Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2024091201334546394" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Deutschland  Umweltmanagement  81309813-Advisory services for climate resilient water and wastewater management in selected municipalities - DEU-Eschborn
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Umweltmanagement
Dokument Nr...: 549364-2024 (ID: 2024091201334546394)
Veröffentlicht: 12.09.2024
*
  DEU-Eschborn: Deutschland  Umweltmanagement  81309813-Advisory services
for climate resilient water and wastewater management in selected municipalities
   2024/S 178/2024 549364
   Deutschland  Umweltmanagement  81309813-Advisory services for climate resilient water and
   wastewater management in selected municipalities
   OJ S 178/2024 12/09/2024
   Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
   Dienstleistungen
   1. Beschaffer
       1.1. Beschaffer
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de
	    Rechtsform des Erwerbers:
            Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
            Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
   2. Verfahren
       2.1. Verfahren
	    Titel: 81309813-Advisory services for climate resilient water and wastewater management in
	    selected municipalities
	    Beschreibung: GIZ has been commissioned to implement the project  Low Carbon and
	    Climate Resilient Water and Wastewater Management (LCCR Water)  on behalf of the
	    German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and
	    Consumer Protection and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs. The LCCR Water
	    project addresses the water crisis through interventions in two secondary municipalities in
	    South Africa. By introducing water- and energy-resource efficiency gains, clean energy
	    alternatives, and reducing water losses, the project addresses climate-induced and supply-
	    related challenges, as well as technical capacity deficiencies (Outputs 1 and 2). By
	    strengthening financial management capacities, the project boosts overall service by
	    facilitating improved operations and maintenance through better financing conditions. In
	    addition, support for the development of project proposals suitable for accessing external
	    financing is provided under Outputs 1 and 2. Finally, Output 3 of the project raises awareness
	    on climate resilience issues and helps key stakeholders arrive at sound policy decisions
	    through the provision of expertise and support for sectoral dialogue. By the project s end, a
	    replicable model for low carbon and climate resilient water and wastewater services that
	    responds to the needs of vulnerable groups is implemented in South Africa (Outcome). By
	    implementing measures to help achieve national low carbon and climate adaptation targets,
	    the South African water and wastewater sector contributes to low carbon, climate resilient long-
	    term development that is responsive to the needs of vulnerable groups (Impact). The project
	    serves as a vertical hub for the exchange of information between the subnational and national
	    levels, as well as helps to facilitate exchange between municipalities, particularly the project s
	    target municipalities, namely: - George Local Municipality in the Western Cape - City of
	    uMhlathuze in Kwa-Zulu Natal GIZ intends to contract out services related to Output 1 and 2 at
	    municipal level. In addition, the contractor will be required to contribute to the documentation
	    of lessons learnt that can be used under Output 3.
	    Kennung des Verfahrens: a52873cf-a702-4259-b3ec-9983c2c5c583
	    Interne Kennung: 81309813
	    Verfahrensart: Offenes Verfahren
	      Das Verfahren wird beschleunigt: nein
     2.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement
            Zusätzliche Einstufung (cpv): 79000000
            Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und
	    Sicherheit
     2.1.2. Erfüllungsort
	    Stadt: South Africa
	    Postleitzahl: 00000
            Land: Südafrika
     2.1.4. Allgemeine Informationen
            Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1VDMY3H1 All communication
	    takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
	    Rechtsgrundlage:
	    Richtlinie 2014/24/EU
	    vgv -
     2.1.6. Ausschlussgründe
            Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende
            bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
            nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
            Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
            nach §§ 123 bis 126 GWB
            Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
            Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
            Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw.
            fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende
            bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende
              bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach
              §§ 123 bis 126 GWB
              Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§
	      123 bis 126 GWB
              Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126
	      GWB
              Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
              Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
   5. Los
       5.1. Los: LOT-0001
	    Titel: 81309813-Advisory services for climate resilient water and wastewater management in
	    selected municipalities
	    Beschreibung: Interventions of the project	Low Carbon and Climate Resilient Water and
	    Wastewater Management (LCCR Water)	target the sub-national and national levels as they
	    demonstrate sound technical and financial management practices at the municipal level
	    (Outputs 1 and 2) and support policy dialogue at the national level (Output 3). Services of the
	    Contractor shall focus on Output 1 and 2 at municipal level. In addition, the Contractor will be
	    required to contribute to the documentation of lessons learnt that can be used under Output 3.
	    The Contractor shall be responsible for the implementation of the following work packages
	    (WP): WP 1: Non-Revenue Water in George WP 2: Non-Revenue Water and water
	    conservation in uMhlathuze WP 3: Tariffs and cost allocation George and uMhlathuze WP 4:
	    Non-sewered sanitation in informal settlements in George WP 5: Guidelines on stormwater
	    management in George WP 6: Faecal Sludge Management Concept in uMhlathuze Key tasks
	    under WP 1 (Non-Revenue Water - George Municipality) - Review existing Water
	    Conservation and Water Demand Strategy and establish or confirm baseline NRW level. -
	    Evaluate engineering and non-engineering solutions for NRW reduction (pre-feasibility level) -
	    Conduct feasibility studies for 3 solutions prioritized by the municipality. - Support
	    implementation of pilot projects and evaluate the effectiveness. - Provide training for staff
	    involved in NRW reduction. - Develop NRW reduction strategy and implementation plan. -
	    Document lessons learned. Key tasks under WP 2 (Non-Revenue Water and Water
	    Conservation - City of uMhlathuze) - Review existing data on NRW levels and composition. -
	    Conduct consumption audits on largest water consumers and municipal buildings. - Provide
	    training for staff involved in NRW reduction. - Evaluate engineering and non-engineering
	    solutions for NRW reduction suitable for the municipality. - Conduct feasibility studies for 3
	    solutions prioritized by the municipality. - Prepare pre-feasibility study for water saving
	    measures for five highest consuming municipal buildings. - Support implementation of pilot
	    projects related to feasibility studies and monitor the effectiveness. - Document experiences
	    and lessons learned. Key tasks under WP 3 (Tariff design and costs allocation for George and
	    uMhlathuze) - Assess existing tariff structures in George and uMhlathuze and compare with
	    international best practise. - Develop recommendations for future tariff design. - Develop cost
	    allocation methodology to reflect cost of water and sanitation service provision. - Provide
	    training to relevant staff at municipalities on tariff design and cost allocation. - Document key
	      policy recommendations on tariffs and cost allocation. Key tasks under WP 4 (Non-sewered
	      sanitation options for informal settlements in George) - Assess existing sanitation situation in
	      informal settlements in George and conduct needs assessment. - Provide overview on existing
	      local, provincial and national laws, bylaws and regulations related to sanitation in informal
	      settlements. - Provide overview on international and South African best practise for sewered
	      and non-sewered sanitation solutions in informal settlements. - Prepare pre-feasibility study for
	      non-sewered sanitation options for informal settlements in George. - If alternative solutions are
	      identified, plan and implement demonstration measures for sanitation solutions and provide on
	      the job training on non-sewered sanitation. - Prepare a wholistic sanitation concept for informal
	      settlements in George. Key tasks under WP 5 (Guidelines on stormwater management
	      George) - Review existing procedures and by-laws in the municipality with an objective of
	      reducing flood risks and mitigating impacts. - Prepare report and slide deck on best practices
	      for stormwater management internationally as well as in South Africa. - Identify the most
	      suitable solutions for George, for different development types (residential, commercial,
	      industrial) to guide developers in designing effective stormwater management systems. -
	      Develop training materials (digital media) targeting landowner and community groups to create
	      awareness on stormwater management. - Develop guidelines covering pre-planning to
	      implementation phases of stormwater management solutions and support municipality in the
	      adoption of the guidelines. - Compile a checklist to be used by municipal officials as part of the
	      municipal evaluation and approval process for development applications. - Provide training to
	      relevant staff of the municipality on effective stormwater management solutions. Key tasks
	      under WP 6 (Faecal sludge management concept uMhlathuze) - Assess current and projected
	      faecal sludge situation at all WWTWs in the municipality. - Prepare pre-feasibility study,
	      comparing at least three different possible faecal sludge management approaches for the
	      municipality. - Organize workshop with municipality to present outcomes of the pre-feasibility
	      study and facilitate discussion on prioritization. - Identify potential funding sources and prepare
	      project proposal up to finance ready stage for faecal sludge management approach. A team of
	      experts shall be provided by the Contractor for this purpose. This shall include (1) team leader
	      and NRW specialist with international profile, (2) NRW specialist for George, (3) NRW
	      specialist for uMhlathuze, (4) sanitation specialist for George, (5) stormwater management
	      specialist for George, (6) pool of short-term experts with international profiles, (7) pool of short-
	      term experts with national profiles, and (8) pool of junior short-term experts with national
	      profiles. Close coordination with the GIZ project team will be required. The Contractor may be
	      a single firm or a consortium of various consulting firms. The involvement of consulting firms
	      from South Africa within subcontracting or joint venture arrangements will be permitted.
	      Estimated duration of the consulting contract is 16 months from the contract award.
	      Interne Kennung: 81309813
     5.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement
            Zusätzliche Einstufung (cpv): 79000000
            Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und
	    Sicherheit
	    Optionen:
	    Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
	    increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender.
	    For details, please see the terms of reference.
     5.1.2. Erfüllungsort
	      Stadt: South Africa
	      Postleitzahl: 00000
              Land: Südafrika
     5.1.3. Geschätzte Dauer
	    Laufzeit: 16 Monate
     5.1.4. Verlängerung
            Maximale Verlängerungen: 2
            Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie
	    hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
	    based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For
	    details, please see the terms of reference.
     5.1.6. Allgemeine Informationen
            Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
            Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
	    Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
            Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
            Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
            Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst#
     5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	    Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
	    Beschreibung: Please refer to the terms of reference.
            Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
	    Beschreibung: Please refer to the terms of reference.
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen:
	    Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen:
	    Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
            Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter
     5.1.9. Eignungskriterien
	    Kriterium:
            Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
            Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
	    Beschreibung: 1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial years (last-
	    but-4 financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last
	    financial year): at least 2,000,000 EUR. 2) Declaration on the average number of employees
	    and managers for the past three calendar years: at least 15 persons.
	      Kriterium:
	      Art: Sonstiges
	      Bezeichnung: Sonstiges
	      Beschreibung: 1) Name and address of the company, legal form, registered office (country),
	      owners and controlling parties, commercial register number/dirstrict court, bank account, tax
	      number, VAT identification number, brief company profile and contact in event of queries. 2)
	      Self-declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against
	      Restraints of Competition (GWB), section 22 of the German Supply Chain Due Diligence Act
	      (LkSG) and EU-Russian sanctions as well as that in the last three years no custodial sentence
	      of more than three years or a fine of more than 90 daily rates or a fine of more than two
	      thousand five hundred euros, which resulted in an entry in the Competition Register, been
	      imposed for noncompliance as specified in section 124 (2) of the German Act against
	      Restraints on Competition (GWB) apply. 3) If a candidate/tenderer wishes to use the
	      capacities of another company for the execution of the contract or to prove his/her eligibility,
	      she/he must prove by submitting a declaration of commitment that the corresponding
	      capacities are available to him/her for the execution of the contract and a declaration that no
	      grounds for exclusion pursuant to Section 123 GWB and/or Section 124 GWB apply to them
	      must be submitted. For the purpose for eligibility through reliance upon the capacities of other
	      entities, please use the form provided by GIZ. 4) In the case of participation as a bidding
	      consortium: tenderers must appoint a leading member and authorise this member to represent
	      the group and to receive payments with discharging effect also for the other members. A
	      corresponding agreement, signed by all members, must be attached to the application for
	      participation. For this purpose, the form provided by GIZ must be used.
	      Kriterium:
              Art: Eignung zur Berufsausübung
              Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
	      Beschreibung: 1) Extract from the commercial register or equivalent evidence/proof in English
	      or German (not older than six months).
	      Kriterium:
              Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
              Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
	      Beschreibung: It is necessary to provide (1) at least four reference projects in the following
	      technical field:	Capacity development in urban water and wastewater management ; (2)
	      thereof at least two reference projects in:  in Southern or/and Eastern Africa in the above-
	      mentioned technical field, thereof at least one reference project in South Africa . Each of the
	      reference projects must be in the last five years with a minimum commission value of at least
	      500,000 EUR. The relevant countries for Southern or/and Eastern Africa are in the eligibility
	      grid.
    5.1.11. Auftragsunterlagen
            Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
            Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 01/10/2024 23:59:00 (UTC+2)
	    Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6Y1VDMY3H1/documents
	    Ad-hoc-Kommunikationskanal:
	    URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1
    5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
            Bedingungen für die Einreichung:
	    Elektronische Einreichung: Erforderlich
            Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6Y1VDMY3H1
            Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
            Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
            Varianten: Nicht zulässig
            Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
	    Beschreibung der finanziellen Sicherheit: An advance payment guarantee may be required
              Frist für den Eingang der Angebote: 11/10/2024 12:00:00 (UTC+2)
              Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 140 Tage
              Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
              Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
	      nachgereicht werden.
              Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
	      documents, within the framework laid down by law.
              Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
              Eröffnungsdatum: 11/10/2024 12:01:00 (UTC+2)
	      Auftragsbedingungen:
              Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte
              Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
              Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
	      information given in the contract notice and the tender documents.
	      Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
              Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
	      Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
              Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
	      Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
	      as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
	      submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
	      authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
	      Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
	      evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
	      expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
	      specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
	      become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
	      latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
	      4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting
	      authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
	      an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
	      1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
    5.1.15. Techniken
	    Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
            Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
	    Kein dynamisches Beschaffungssystem
    5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
            Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
            Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
            Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
            Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
	    Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
            TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
	    des BMI)
   8. Organisationen
       8.1. ORG-0001
              Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	      Registrierungsnummer: 993-80072-52
              Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	      Stadt: Eschborn
	      Postleitzahl: 65760
	      Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	      Land: Deutschland
              Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte
	      E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de
	      Telefon: +49 69719189012
	      Rollen dieser Organisation:
	      Beschaffer
       8.1. ORG-0002
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: 993-80072-52
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
            Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte
	    E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de
	    Telefon: +49 69719189012
	    Rollen dieser Organisation:
            Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
       8.1. ORG-0003
	    Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
	    Registrierungsnummer: 022894990
            Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53113
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
	    Telefon: +49 2289499-0
	    Fax: +49 2289499-163
	    Rollen dieser Organisation:
            Überprüfungsstelle
       8.1. ORG-0004
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: 993-80072-52
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
            Kontaktperson: Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte
	      E-Mail: giz.ausschreibungen@fgvw.de
	      Telefon: +49 69719189012
	      Rollen dieser Organisation:
              Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
       8.1. ORG-0005
            Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
	    Beschaffungsamts des BMI)
	    Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53119
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
	    Telefon: +49228996100
	    Rollen dieser Organisation:
	    TED eSender
   11. Informationen zur Bekanntmachung
      11.1. Informationen zur Bekanntmachung
	    Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6d419de7-3355-4ba5-b38d-b589a4da3bf4 - 01
	    Formulartyp: Wettbewerb
            Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
	    Unterart der Bekanntmachung: 16
            Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/09/2024 19:19:23 (UTC+2)
            Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
      11.2. Informationen zur Veröffentlichung
            ABl. S  Nummer der Ausgabe: 178/2024
            Datum der Veröffentlichung: 12/09/2024
Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1VDMY3H1/documents
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202409/ausschreibung-549364-2024-DEU.txt
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau