Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DEU-Eggenstein-Leopoldshafen - Deutschland Elektromagnetische Anlage 5,1 T Super Conducting Magnetic System for HyPERiON Projekt B01
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2024042401385530936 / 243871-2024
Veröffentlicht :
24.04.2024
Anforderung der Unterlagen bis :
07.06.2024
Angebotsabgabe bis :
05.07.2024
Dokumententyp : Ausschreibung
Produkt-Codes :
33158100 - Elektromagnetische Anlage
DEU-Eggenstein-Leopoldshafen: Deutschland Elektromagnetische Anlage 5,1
T Super Conducting Magnetic System for HyPERiON Projekt B01

2024/S 81/2024 243871

Deutschland Elektromagnetische Anlage 5,1 T Super Conducting Magnetic System for
HyPERiON Projekt B01
OJ S 81/2024 24/04/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Lieferungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Karlsruher Institut für Technologie
Rechtsform des Erwerbers:
Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: 5,1 T Super Conducting Magnetic System for HyPERiON Projekt B01
Beschreibung: Delivery of a 5,1 T Super Conducting Magnetic System for IHM HyPERiON
Projekt B01
Kennung des Verfahrens: e310642f-f866-4962-b628-ca86a02d2b18
Interne Kennung: 230-2300
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 33158100 Elektromagnetische Anlage

2.1.2. Erfüllungsort
Postanschrift: Karlsruher Institut für Technologie Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Stadt: Eggenstein-Leopoldshafen
Postleitzahl: 76344
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

2.1.3. Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 360 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y03HAV8
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6. Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach
§§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§
123 bis 126 GWB
Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126
GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: 5,1 T Super Conducting Magnetic System for HyPERiON Projekt B01
Beschreibung: Delivery of one turnkey superconducting cryogen-free magnetic (SCM) system
which will be used for the HyPERiON Project B01 at the KIT. The system should consist of the
complete superconducting magnet with its cryostats, cryogenic coolers with auxiliary

equipment (compressors), cryogenic control systems, quench protection system, current
power supplies and any other components deemed necessary by the supplier to operate the
SCM safely at the specified performance.
Interne Kennung: 230-2300

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 33158100 Elektromagnetische Anlage

5.1.2. Erfüllungsort
Postanschrift: Karlsruher Institut für Technologie Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Stadt: Eggenstein-Leopoldshafen
Postleitzahl: 76344
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:startup#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial performance
Beschreibung: As proof of the required economic and financial capacity of the tenderer, the
submission of the following documents: 1. Corresponding bank statements, proof of
appropriate professional or public liability insurance, Annual financial statements or extracts
from annual financial statements if their publication is required by law in the country in which
the applicant or tenderer is established is required by law, a declaration of the total turnover
and, where applicable, the turnover in the area of activity of the contract for the last three
financial years

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technical and financial performance
Beschreibung: As proof of the necessary technical and professional capacity of the tenderer,
the following requirements, which ensure that the tenderer has the necessary human and
technical resources and technical resources and sufficient experience to perform the contract
to an appropriate quality standard. be able to carry out the contract to an appropriate standard.
As proof of the required technical and professional capacity of the tenderer, the following
documents: At least 3 references for previously (in the last five financial years) (in the last five
financial years), stating the value, the date of delivery or performance and the public or private
recipient. and the public or private recipient; Details of the technical specialists or technical
bodies used in connection with the technical staff or technical bodies with the provision of the

service, whether or not they company or not, and in particular those responsible for quality
control are in charge of quality control.

Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Miscellaneous
Beschreibung: Specification of the supply chain management and supply chain monitoring
system available to the company for contract performance, a statement showing the average
annual number of employees of the company and the number of its managers over the last
three years.

5.1.11. Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/06/2024 00:00:00 (UTC+2)
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y03HAV8
/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y03HAV8

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y03HAV8
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 05/07/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 $name_timeperiod.MONTHS_deu
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: .
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 05/07/2024 12:01:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: .
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: A review procedure can be applied for in writing to
the body named in Section VI.4.1), stating reasons (assertion of legal infringement,
presentation of current or imminent damages to the applicant) and specifying an authorized
recipient in Germany before the contract is awarded. The procedure before the procurement
chamber is governed by Sections 107 et seq. GWB. The application is inadmissible if the
applicant has recognized the alleged breach of procurement regulations in the procurement
procedure and has not notified the contracting authority without delay, if breaches of
procurement regulations that are identifiable on the basis of the contract notice are not notified
to the contracting authority by the expiry of the deadline for submitting tenders or applications
specified in the contract notice at the latest, violations of procurement regulations that are only
recognizable in the procurement documents are not notified to the contracting authority by the

expiry of the deadline for submitting tenders or applications specified in the contract notice at
the latest, more than 15 calendar days have elapsed since receipt of the notification from the
contracting authority that it does not intend to remedy a complaint.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium
Karlsruhe
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Karlsruher
Institut für Technologie

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Karlsruher Institut für Technologie
Registrierungsnummer: de266749428
Postanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Stadt: Eggenstein-Leopoldshafen
Postleitzahl: 76344
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft
E-Mail: ulrike.windbiel@kit.edu
Telefon: 0721-60844772
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium
Karlsruhe
Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-0
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1. Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 62e8cdd1-ac87-40aa-b86e-1ba4235c3840 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/04/2024 15:17:58 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

11.2. Informationen zur Veröffentlichung
ABl. S Nummer der Ausgabe: 81/2024
Datum der Veröffentlichung: 24/04/2024

Referenzen:
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y03HAV8
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y03HAV8/documents
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202404/ausschreibung-243871-2024-DEU.txt

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau