Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DEU-Eschborn - Deutschland Umweltmanagement 81306139 -Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) Pilot Project (UPP)
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2024042301380827988 / 241144-2024
Veröffentlicht :
23.04.2024
Anforderung der Unterlagen bis :
13.05.2024
Angebotsabgabe bis :
24.05.2024
Dokumententyp : Ausschreibung
Produkt-Codes :
90710000 - Umweltmanagement
DEU-Eschborn: Deutschland Umweltmanagement 81306139 -Urban Water
Catalyst Initiative (UWCI) Pilot Project (UPP)

2024/S 80/2024 241144

Deutschland Umweltmanagement 81306139 - Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) Pilot
Project (UPP)
OJ S 80/2024 23/04/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers:
Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: 81306139 - Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) Pilot Project (UPP)
Beschreibung: The Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) is a global initiative to support
public urban water and sanitation utilities to make the transition to sustainable financing,
enabling higher levels of investment to improve water and sanitation access and quality (SDG
6), and to build climate resilience (SDG 13). The initiative was initiated by the Dutch and
German governments and supported by the European Union (EU), and was announced at the
UN Water Conference in March 2023. It is a commitment under the Water Action Agenda .
The initiative will be implemented by the organisations of GIZ and KfW on behalf of the
German Government and VEi on behalf of the Dutch Government. In a first step the UWCI will
be operationalised though the UWCI Pilot Project (UPP) which will test the implementation
concept and offering in selected utilities in the Early Engagement Phase . GIZ is the lead
implementing agency of UPP, which is funded by the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ) and the Directorate-General for International
Cooperation (DGIS) under the Ministry of Foreign Affairs. The objective of UWCI is to support
water utilities to improve their technical, corporate and financial performance with the goal of
achieving creditworthiness and securing an affordable and sustainable financing package that
meets the utility s realistic investment needs over the next five to ten years. This process is
called utility turnaround and is a process of transformational change through which the utility
s performance is substantively improved. The UPP is structured into three main components in
line with the UWCI phases: 1. UWCI Pilot Project Preparation Phase 2. UWCI Pilot Project
Early Engagement Phase 3. UWCI Pilot Project Phase 1 Currently the UPP Preparation Phase
is in progress. It is identifying the utilities through a first call for applications (see Annex). The
UPP envisages to support up to 7 utilities. Once the UWCI Global Grant Facility is
incorporated, a minimum of additional 3 utilities will be invited to submit applications under a
second call for applications. The partner utilities will be selected from the following countries:
1st call (ongoing) in Kenya, Malawi, Tanzania, Egypt, Colombia, Vietnam, Indonesia and the
Philippines and 2nd call in 2024 in additional countries like Morocco, Moldavia, Jordan and
others. The purpose of the UWCI Pilot Early Engagement Phase is to secure the essential
pre-conditions for a successful utility turnaround and a transition to sustainable financing,
which are the 5 key milestones of 1) two baseline assessments creditworthiness assessment
and a climate vulnerability assessment, 2) Board approved strategy and business plan, 3) a

100-days quick win programme with completing report, 4) specified Technical Assistance
(TA) programme and 5) Signing of a Compact agreement with commitments. Based on the
key milestones, commitments for the following UWCI Phase 1 and 2 will be defined in a
Compact between the utility owner, the utility management and UWCI. The Early Engagement
Phase also aims at establishing relationships and developing trust between the utility and the
UWCI. This phase is expected to be completed within 6 to 12 months. A Contractor is required
for providing contractual and technical management of short-term experts during the Early
Engagement Phase of the UWCI Pilot Project for the purpose of: 1) building up a pool of
trusted advisers including pre-selected experts 2) contracting trusted advisers for the 7
participating utilities, 3) contracting additional technical experts for the 7 participating utilities
and 4) preparation of key milestones of the Early Engagement Phase for the 7 participating
utilities.
Kennung des Verfahrens: 40959292-bcc4-412d-9619-c40e4315d414
Interne Kennung: 81306139
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement

2.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1Z2M9QKS All communication
takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6. Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach
§§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§
123 bis 126 GWB
Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126
GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: 81306139 - Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) Pilot Project (UPP)
Beschreibung: The Urban Water Catalyst Initiative (UWCI) will be implemented by the
organisations of GIZ and KfW on behalf of the German Government and VEi on behalf of the
Dutch Government. In a first step the UWCI will be operationalised though the UWCI Pilot
Project (UPP) which will test the implementation concept and offering in selected utilities in the
Early Engagement Phase . GIZ is the lead implementing agency of UPP, which is funded by
the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the
Directorate-General for International Cooperation (DGIS) under the Ministry of Foreign Affairs.
The objective of UWCI is to support water utilities to improve their technical, corporate and
financial performance with the goal of achieving creditworthiness and securing an affordable
and sustainable financing package that meets the utility s realistic investment needs over the
next five to ten years. This process is called utility turnaround and is a process of
transformational change through which the utility s performance is substantively improved. A
Contractor is required for providing contractual and technical management of short-term
experts during the Early Engagement Phase of the UWCI Pilot Project. The tasks of the
Contractor are divided into the following work packages: Work package 1: Building up the
international short-term expert (STE) pools of trusted advisers The implementing organisations
of the UWCI have already started to pre-select trusted advisers on a short list of about 20

experts based on selection criteria, interviews and expressed interest of the experts. This short
list of trusted advisers needs to be further extended with suitable candidates to make a
minimum number of 30 experts, who will be part of a STE pool for trusted advisers. The
selection of the additional 10 trusted advisers by the contractor will be based on specific
selection criteria provided by UPP. The number of 30 experts shall cater for flexibility in case
of limitations of availability of experts and for providing enough experts in the matching
process (WP 2). Work package 2: Matching of trusted advisers with CEOs of partner utilities
Utilities that have been selected for entry to the programme in the UWCI Pilot Preparation
Phase will sign a contract and then receive support of a trusted adviser during the Early
Engagement Phase which is expected to last between 6 and 12 months. The trusted adviser
for each participating utility will be selected by the CEO of the partner utility from a pool of
senior advisers. In terms of matching the trusted adviser with a CEO of a partner utility, each
utility shall be offered the choice of 3 potential trusted advisers by the contractor based on pre-
defined criteria provided by UPP. Each CEO will then select one appropriate and acceptable
expert by their choice. The contractor will then make contractual arrangements with the
selected trusted adviser with a standardised ToR over a specific period depending on size,
complexity and development process of the Compact. The standardised ToR will be
developed by the contractor and shared for approval to UPP. Work package 3: Onboarding of
trusted advisers and additional experts The trusted adviser will be expected to travel to the
location of the utility and have in-person meetings and engagements with the utility CEO and
key stakeholders. A key purpose of these visits is to build relationships and trust in order to
develop a strategy, a business plan, a 100-day quick win programme, specifications for a
technical assistance programme and drafting a Compact between the utility, it s owner and
UWCI, At least three visits are anticipated, at the beginning, middle and end of the
assignment. In-between visits, the adviser is expected to be in regular (e.g. bi-weekly) contact
with the utility CEO and other stakeholders to facilitate support and make progress. In addition,
the trusted adviser will support the CEO of the partner utility to request for additional experts
for the other STE pools, if needed for the key milestones of the Early Engagement Phase like
strategy and business development and climate vulnerability assessment within the available
resources. Work package 4: Support on key milestones for Early Engagement Phase (see
chapter 1.2) in preparation of the Compact (Board approved strategy and business plan, a 100-
day quick win programme and climate vulnerability assessments). The trusted adviser will
support and advise the CEO and his team in the review of the utility s strategy and business
plan, a 100-day quick win programme and climate vulnerability assessment. This may be
supported by additional assistance of specialised experts from the STE pools 2, 3 and 4. An
important component of this process will be to identify important skill and knowledge gaps
within the utility and how best these can be filled, particularly on the top management level.
Work package 5: Support on drafting and signing of Compact Agreement The trusted adviser
shall facilitate the development of commitments of the utility and the utility owners for the
compact agreement during the onsite visits and remote support.
Interne Kennung: 81306139

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90710000 Umweltmanagement
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
increases to the successful bidder in this tender on the basis of the criteria specified in the
tender documents. Please refer to the Special Conditions for details.

5.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land

5.1.4. Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie
hier beschrieben: GIZ is entitled to extend the deadline for performance of the original contract
by unilaterally notifying the Contractor. Please refer to the Special Terms and Conditions for
details.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:freelance#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Anpassung an den Klimawandel
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz

5.1.9. Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year
can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least:
1.800.000,00 EUR. 2. Average number of employees and managers in the last three calendar
years, at least 15 persons.

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and
commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of
the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3.
Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 500.000,00 EUR. 2. At least 3 reference projects in the
technical field water, sanitation or waste management by utilities and at least 2 reference
projects in the region Africa in the last 3 years.

5.1.11. Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 13/05/2024 23:59:00 (UTC+2)
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6Y1Z2M9QKS/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1Z2M9QKS

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6Y1Z2M9QKS
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 24/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 98 $name_timeperiod.DAYS_deu
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
documents, within the framework laid down by law.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 24/05/2024 12:05:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting

authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Die Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: giz@leinemann-partner.de
Telefon: +49 6974093873
Fax: +49 6974093874
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: giz@leinemann-partner.de
Telefon: +49 6974093873
Fax: +49 6974093874
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: giz@leinemann-partner.de
Telefon: +49 6974093873
Fax: +49 6974093874
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 9685222a-f35d-4e6f-afdd-
05066e4ca8a6-01

Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

Beschreibung: Auf eine Bieterfrage hin, wurde die Angebotsfrist um 2 Wochen verlängert, was
die Anpassung der Fristen erforderte.

10.1. Änderung
Beschreibung der Änderungen: Angebotsfrist wurde um 2 Wochen verlängert.

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1. Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ae22ec7f-dc4d-421c-90b5-8877f3b51e2b - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/04/2024 11:09:40 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch

11.2. Informationen zur Veröffentlichung
ABl. S Nummer der Ausgabe: 80/2024
Datum der Veröffentlichung: 23/04/2024

Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1Z2M9QKS
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1Z2M9QKS/documents
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202404/ausschreibung-241144-2024-DEU.txt

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau