Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2021011109034006941" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibungen und Aufträge:
Veranstaltung von Sprachkursen - ES-Sevilla
Veranstaltung von Sprachkursen
Dokument Nr...: 18967-2021 (ID: 2021011509284217182)
Veröffentlicht: 15.01.2021
*
  ES-Sevilla: Veranstaltung von Sprachkursen
   2021/S 10/2021 18967
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Ergebnisse des Vergabeverfahrens
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Instituto Andaluz de Administración Pública
   Nationale Identifikationsnummer: Q9150007D
   Postanschrift: C/ Torne, 26
   Ort: Sevilla
   NUTS-Code: ES618 Sevilla
   Postleitzahl: 41002
   Land: Spanien
   Kontaktstelle(n): César Rodríguez Achútegui
   E-Mail: [6]contratacion.iaap@juntadeandalucia.es
   Telefon: +34 955042431
   Fax: +34 955042444
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse:
   [7]http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Kommunalbehörde
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Cursos de idiomas, modalidad teleformación (online) de inglés y francés
   Referenznummer der Bekanntmachung: CONTR 2019/342344
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Los servicios de docencia, gestión administrativa y técnica de cursos
   para el aprendizaje y perfeccionamiento de inglés y francés, en
   modalidad teleformación (online) destinados al personal al servicio de
   la Administración General de la Junta de Andalucía y al personal no
   judicial de la Administración de Justicia de Andalucía.
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
   Wert ohne MwSt.: 233 800.00 EUR
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Inglés: teleformación
   Los-Nr.: 1
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: ES618 Sevilla
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Cursos de inglés general de cien horas, modalidad teleformación para 1
   400 alumnos.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Qualitätskriterium - Name: Test de nivel y progreso / Gewichtung: 5
   Qualitätskriterium - Name: Contenidos y organización didáctica /
   Gewichtung: 20
   Qualitätskriterium - Name: Tutorías y clases telefónicas / Gewichtung:
   10
   Qualitätskriterium - Name: Aula virtual / Gewichtung: 5
   Kostenkriterium - Name: Oferta económica más ventajosa / Gewichtung: 15
   Kostenkriterium - Name: Aumento del número de clases telefónicas /
   Gewichtung: 15
   Kostenkriterium - Name: Aumento del número de ejercicios de composición
   escrita / Gewichtung: 12
   Kostenkriterium - Name: Aumento del número de palabras por composición
   escrita / Gewichtung: 7
   Kostenkriterium - Name: Disminución de la ratio de alumnos por tutor /
   Gewichtung: 5
   Kostenkriterium - Name: Número de clases virtuales por niveles /
   Gewichtung: 6
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2019/S 190-462373
   IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
   IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
   Vorinformation
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr.: LOTE Nº 2020/219
   Los-Nr.: 2
   Bezeichnung des Auftrags:
   Inglés: teleformación
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   21/12/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Gofluent, S. L. U.
   Nationale Identifikationsnummer: B-85838019
   Postanschrift: Avenida Burgos, 16 D, 3.ª izquierda
   Ort: Madrid
   NUTS-Code: ES300 Madrid
   Postleitzahl: 28036
   Land: Spanien
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 196
   000.00 EUR
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 156 800.00 EUR
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administrativo de Recursos
   Contractuales de la Junta de Andalucía
   Ort: Sevilla
   Land: Spanien
   E-Mail: [9]tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
   Internet-Adresse:
   [10]http://www.ceh.junta-andalucia.es./contratacion/tribunal_adm/tribun
   al.htm
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Recurso especial en materia de contratación del artículo 44 y
   siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, quince días
   hábiles desde la notificación del acto impugnado. Posteriormente, se
   puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
   meses desde la notificación de la resolución.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11/01/2021
References
   6. mailto:contratacion.iaap@juntadeandalucia.es?subject=TED
   7. http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
   8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462373-2019:TEXT:DE:HTML
   9. mailto:tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es?subject=TED
  10. http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/tribunal_adm/tribunal.htm
OT: 15/01/2021    S10
   España-Sevilla: Provisión de cursos de idiomas
   2021/S 010-018967
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Resultados del procedimiento de contratación
   Servicios
   Base jurídica:
   Directiva 2014/24/UE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre y direcciones
   Nombre oficial: Instituto Andaluz de Administración Pública
   Número de identificación fiscal: Q9150007D
   Dirección postal: C/ Torne, 26
   Localidad: Sevilla
   Código NUTS: ES618 Sevilla
   Código postal: 41002
   País: España
   Persona de contacto: César Rodríguez Achútegui
   Correo electrónico: [6]contratacion.iaap@juntadeandalucia.es
   Teléfono: +34 955042431
   Fax: +34 955042444
   Direcciones de internet:
   Dirección principal:
   [7]http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
   I.4)Tipo de poder adjudicador
   Autoridad regional o local
   I.5)Principal actividad
   Servicios públicos generales
   Apartado II: Objeto
   II.1)Ámbito de la contratación
   II.1.1)Denominación:
   Cursos de idiomas, modalidad teleformación (online) de inglés y francés
   Número de referencia: CONTR 2019/342344
   II.1.2)Código CPV principal
   80580000 Provisión de cursos de idiomas
   II.1.3)Tipo de contrato
   Servicios
   II.1.4)Breve descripción:
   Los servicios de docencia, gestión administrativa y técnica de cursos
   para el aprendizaje y perfeccionamiento de inglés y francés, en
   modalidad teleformación (online) destinados al personal al servicio de
   la Administración General de la Junta de Andalucía y al personal no
   judicial de la Administración de Justicia de Andalucía.
   II.1.6)Información relativa a los lotes
   El contrato está dividido en lotes: sí
   II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
   Valor IVA excluido: 233 800.00 EUR
   II.2)Descripción
   II.2.1)Denominación:
   Inglés: teleformación
   Lote nº: 1
   II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
   80580000 Provisión de cursos de idiomas
   II.2.3)Lugar de ejecución
   Código NUTS: ES618 Sevilla
   II.2.4)Descripción del contrato:
   Cursos de inglés general de cien horas, modalidad teleformación para 1
   400 alumnos.
   II.2.5)Criterios de adjudicación
   Criterio de calidad - Nombre: Test de nivel y progreso / Ponderación: 5
   Criterio de calidad - Nombre: Contenidos y organización didáctica /
   Ponderación: 20
   Criterio de calidad - Nombre: Tutorías y clases telefónicas /
   Ponderación: 10
   Criterio de calidad - Nombre: Aula virtual / Ponderación: 5
   Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica más ventajosa /
   Ponderación: 15
   Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de clases
   telefónicas / Ponderación: 15
   Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de ejercicios
   de composición escrita / Ponderación: 12
   Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de palabras por
   composición escrita / Ponderación: 7
   Criterio relativo al coste - Nombre: Disminución de la ratio de alumnos
   por tutor / Ponderación: 5
   Criterio relativo al coste - Nombre: Número de clases virtuales por
   niveles / Ponderación: 6
   II.2.11)Información sobre las opciones
   Opciones: no
   II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
   El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos
   de la Unión Europea: no
   II.2.14)Información adicional
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Descripción
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Procedimiento abierto
   IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de
   adquisición
   IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
   IV.2)Información administrativa
   IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
   Número de anuncio en el DO S: [8]2019/S 190-462373
   IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de
   adquisición
   IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación
   en forma de anuncio de información previa
   Apartado V: Adjudicación de contrato
   Contrato nº: LOTE Nº 2020/219
   Lote nº: 2
   Denominación:
   Inglés: teleformación
   Se adjudica un contrato/lote: sí
   V.2)Adjudicación de contrato
   V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
   21/12/2020
   V.2.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 8
   El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
   V.2.3)Nombre y dirección del contratista
   Nombre oficial: Gofluent, S. L. U.
   Número de identificación fiscal: B-85838019
   Dirección postal: Avenida Burgos, 16 D, 3.ª izquierda
   Localidad: Madrid
   Código NUTS: ES300 Madrid
   Código postal: 28036
   País: España
   El contratista es una PYME: no
   V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
   Valor total inicial estimado del contrato/lote: 196 000.00 EUR
   Valor total del contrato/lote: 156 800.00 EUR
   V.2.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.3)Información adicional:
   VI.4)Procedimientos de recurso
   VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
   Junta de Andalucía
   Localidad: Sevilla
   País: España
   Correo electrónico:
   [9]tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
   Dirección de internet:
   [10]http://www.ceh.junta-andalucia.es./contratacion/tribunal_adm/tribun
   al.htm
   VI.4.3)Procedimiento de recurso
   Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
   Recurso especial en materia de contratación del artículo 44 y
   siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, quince días
   hábiles desde la notificación del acto impugnado. Posteriormente, se
   puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
   meses desde la notificación de la resolución.
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   11/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile - DK-Kopenhagen
Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
Installation von Aufzügen
Dokument Nr...: 28967-2021 (ID: 2021012009181727306)
Veröffentlicht: 20.01.2021
*
  DK-Kopenhagen: Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
   2021/S 13/2021 28967
   Auftragsbekanntmachung  Sektoren
   Lieferauftrag
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/25/EU
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Metroselskabet I/S
   Nationale Identifikationsnummer: 30823699
   Postanschrift: Metrovej 5
   Ort: København S
   NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
   Postleitzahl: 2300
   Land: Dänemark
   Kontaktstelle(n): Carsten Larsen
   E-Mail: [6]procurement@m.dk
   Telefon: +45 72424874
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.m.dk
   I.3)Kommunikation
   Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere
   Auskünfte sind erhältlich unter:
   [8]https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Me
   trovej
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]www.byggeprojekt.dk
   I.6)Haupttätigkeit(en)
   Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Two Train Lifts for CMC  Metrovej
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   42400000 Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Supply, installation, commissioning and maintenance 1-year after
   commissioning of two train lifts for the expansion of the CMC at
   Metrovej.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45313100 Installation von Aufzügen
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DK011 Byen København
   Hauptort der Ausführung:
   At the suppliers factory and at the CMC, Metrovej 3, Copenhagen.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The Copenhagen Metro needs two train lifts for their Control and
   Maintenance Center (CMC) for the M1 and M2 lines. The CMC is placed in
   Ørestad in Copenhagen.
    one train lift with bogie separator;
    and one train lift without bogie separator.
   Both lifts will be used for lifting/lowering metro trains for
   performing maintenance as well as for replacement of components.
   Furthermore, the train lift with bogie separator must, naturally, be
   designed so it is possible to exchanging the bogies.
   The Metro train are all the same design. It is designed as a 3 cars-4
   bogies unit (3 engine bogies + 1 trailer bogie). There are six pairs of
   lifting points on the car body.
   Both train lifts must be of the type underfloor lifting systems floors.
   In order to provide a good working environment where, for example, you
   should be able to push carts across the floor without having to climb
   graves or other obstacles.
   Both lifts must be able to lift a 3-carriage train with four bogies.
   The existing lifts are designed to lift the vehicle weight of 80 tons.
   The new lifts must also be designed to accommodate this. There is 10
   850 mm distance between outer bogie and inner bogie. And between the
   two inner bogies there is a distance of 11 000 mm (see the figure
   above).
   The lifts must be delivered and installed into the pits and ready for
   use. Training must be provided for the people who will use the lifts.
   In addition, there shall be delivered a service agreement for the first
   year of service.
   The service agreement is intended to ensure that the lift is functional
   and reliable, as the Metro workshop is very dependent on their
   auxiliary machines working 24/7 all year round. It must be possible to
   service the trains satisfactorily when they come to the workshop in a
   manner, so that the trains can be put into service after maintenance
   has been carried out without unnecessary delays.
   For further information please refer to the tender document
   Requirements Specifications Two Train Lifts.
   The two train lifts shall be installed in pits constructed by a design
   and build contractor. The supplier is required to deliver input in
   relation to the pits to the contractor and to collaborate with the
   contractor in finalising the expansion of the CMC on time and budget
   and including clarifying interphases.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Preis
   II.2.6)Geschätzter Wert
   Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 28
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Anzahl der Bewerber: 3
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   The tenderers will be selected based on the informations on references
   for solved task similar to the ones put out to tender among the
   applicants, which fulfils the minimum requirement in section III.1.2)
   and III.1.3) and have submitted a filled in, signed and dated European
   Standard Procurement Document (ESPD).
   The relevance of the experience in the references will form basis for
   the evaluation and selection. It will be assessed positively if the
   references document solid experience with supply, installation and
   maintenance of train lifts similar to the train lifts put our to
   tender.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   Maintenance of the two train lifts for year 2 to 6 after the
   commissioning is an option in the contract.
   Procurement of critical spare parts is an option in the contract.
   For further information please refer to the tender documents, in
   special the Requirement for Service.
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Information on the applicants below mentioned economic key figures for
   the last 3 years (if available) need to be filled in section IV.B) in
   the ESPD:
    general yearly turnover;
    financial ratio: solidity;
    other economic and financial requirement;
    result after taxation;
    equity;
    early turnover related to supply, installation and maintenance of
   train lifts.
   Formalities:
   If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
   each member of the consortium. Further a description of the roles of
   each member and an argumentation for the need of the consortium need to
   be filled in section II.A) in the ESPD.
   If the applications is based on a third party; the third party need to
   fill in section IV.B) in the ESPD.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   The equity are not allowed to be negative in the last available
   financial report.
   The result after taxation are not allowed to be negative in all of the
   last three available financial reports.
   The yearly turnover related to supply, installation and maintenance of
   train lifts must exceed DKK 20 millions per year.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Up to five references may be filled in the section IV.C) of the ESPD.
   For each reference the following information is required:
    description and technical specifications of the lift(s) supplied and
   the use/purpose of the lift;
    description of the installation of the lift(s) provided by the
   applicant;
    description of the maintenance of the lift(s) provided by the
   applicant;
    date for commissioning of the lifts (need to be after 1 January
   2016);
    the contract sum for the lift(s) specified in supply, installation
   and maintenance;
    the name of the client and contact information for a contact person
   in the clients organisation.
   MS reserves the right to contact the contact person mentioned above.
   If the references includes pictures, diagrams or similar, which cannot
   be entered into the ESPD it is allowed to submit the reference in a
   separate PDF-file. In that case a precise reference to the document
   needs to be entered in the ESPD.
   Formalities:
   If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
   each member of the consortium. Further a description of the roles of
   each member and an argumentation for the need of the consortium need to
   be filled in section II.A) in the ESPD.
   If the applications is based on a third party; the third party need to
   fill in section IV.C) in the ESPD.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   The references needs to document solid experience with supply,
   installation and maintenance of lifts comparable to the one put out to
   tender and at least three train lifts similar to the train lifts put
   out for tender need to be documented in the references.
   III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
   Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
   The applicant need to fill in, sign and date an ESPD. Using the ESPD
   system please import an XML-file from [10]www.byggeprojekt.dk Access to
   the system are available after registering via the link in section I.3)
   of the present contract notice.
   The applicant need to fill in section II to V) and date and sign
   section VI) of the ESPD.
   An ESPD is needed for each member of a Consortium, cf. section III.1.2)
   and III.1.3).
   A third party need to fill in an ESPD in accordance with section
   III.1.2) and III.1.3) and date and sign section VI).
   The application need to be submitted via [11]www.byggeprojekt.dk
   III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
   Please refer to the tender document Draft Contract.
   III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt
   wird, haben muss:
   If the applicant is a consortium (group of economic operators) the
   members will be asked to be responsible in solidum, cf. Tender
   Conditions, appendix C.
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   The clients Code of Conduct will form part of the contract.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 16/02/2021
   Ortszeit: 13:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 25/02/2021
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
   Angebote)
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
   Die Zahlung erfolgt elektronisch
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   In relation to section IV.1.4) please be informed that the client
   reserves the right to award the contract based on the initial tenders,
   cf. the Tender Conditions.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Klagenævntet for Udbud
   Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Ort: Viborg
   Postleitzahl: 8800
   Land: Dänemark
   E-Mail: [12]klfu@naevneneshus.dk
   Telefon: +45 72405708
   Internet-Adresse:
   [13]https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   In accordance with Act No 593 of 2 June 2016 om Klagenævn for Udbud
   (Review body) the following deadline for review is applicable:
   Review in relation to not being selected as a tenderer  20 calendar
   days calculated from the day after the clients submission of the
   decision on selection of tenderers, cf. the act § 7 stk. 1.
   Review in relation to other issues: 45 calendar days calculated from
   the day after the clients submission of the contract award decision,
   cf. the act § 7, stk. 2, No 1.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Postanschrift: Carl Jacobsen Vej 35
   Ort: Valby
   Postleitzahl: 2500
   Land: Dänemark
   E-Mail: [14]kfst@kfst.dk
   Telefon: +45 41715000
   Internet-Adresse: [15]http://www.kfst.dk
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   15/01/2021
References
   6. mailto:procurement@m.dk?subject=TED
   7. http://www.m.dk/
   8. https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Metrovej
   9. http://www.byggeprojekt.dk/
  10. http://www.byggeprojekt.dk/
  11. http://www.byggeprojekt.dk/
  12. mailto:klfu@naevneneshus.dk?subject=TED
  13. https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
  14. mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
  15. http://www.kfst.dk/
OT: 20/01/2021    S13
   Denmark-Copenhagen: Lifting and handling equipment and parts
   2021/S 013-028967
   Contract notice  utilities
   Supplies
   Legal Basis:
   Directive 2014/25/EU
   Section I: Contracting entity
   I.1)Name and addresses
   Official name: Metroselskabet I/S
   National registration number: 30823699
   Postal address: Metrovej 5
   Town: København S
   NUTS code: DK01 Hovedstaden
   Postal code: 2300
   Country: Denmark
   Contact person: Carsten Larsen
   E-mail: [6]procurement@m.dk
   Telephone: +45 72424874
   Internet address(es):
   Main address: [7]http://www.m.dk
   I.3)Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information
   can be obtained at:
   [8]https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Me
   trovej
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Tenders or requests to participate must be submitted electronically
   via: [9]www.byggeprojekt.dk
   I.6)Main activity
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
   Section II: Object
   II.1)Scope of the procurement
   II.1.1)Title:
   Two Train Lifts for CMC  Metrovej
   II.1.2)Main CPV code
   42400000 Lifting and handling equipment and parts
   II.1.3)Type of contract
   Supplies
   II.1.4)Short description:
   Supply, installation, commissioning and maintenance 1-year after
   commissioning of two train lifts for the expansion of the CMC at
   Metrovej.
   II.1.5)Estimated total value
   Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
   II.1.6)Information about lots
   This contract is divided into lots: no
   II.2)Description
   II.2.2)Additional CPV code(s)
   45313100 Lift installation work
   II.2.3)Place of performance
   NUTS code: DK011 Byen København
   Main site or place of performance:
   At the suppliers factory and at the CMC, Metrovej 3, Copenhagen.
   II.2.4)Description of the procurement:
   The Copenhagen Metro needs two train lifts for their Control and
   Maintenance Center (CMC) for the M1 and M2 lines. The CMC is placed in
   Ørestad in Copenhagen.
    one train lift with bogie separator;
    and one train lift without bogie separator.
   Both lifts will be used for lifting/lowering metro trains for
   performing maintenance as well as for replacement of components.
   Furthermore, the train lift with bogie separator must, naturally, be
   designed so it is possible to exchanging the bogies.
   The Metro train are all the same design. It is designed as a 3 cars-4
   bogies unit (3 engine bogies + 1 trailer bogie). There are six pairs of
   lifting points on the car body.
   Both train lifts must be of the type underfloor lifting systems floors.
   In order to provide a good working environment where, for example, you
   should be able to push carts across the floor without having to climb
   graves or other obstacles.
   Both lifts must be able to lift a 3-carriage train with four bogies.
   The existing lifts are designed to lift the vehicle weight of 80 tons.
   The new lifts must also be designed to accommodate this. There is 10
   850 mm distance between outer bogie and inner bogie. And between the
   two inner bogies there is a distance of 11 000 mm (see the figure
   above).
   The lifts must be delivered and installed into the pits and ready for
   use. Training must be provided for the people who will use the lifts.
   In addition, there shall be delivered a service agreement for the first
   year of service.
   The service agreement is intended to ensure that the lift is functional
   and reliable, as the Metro workshop is very dependent on their
   auxiliary machines working 24/7 all year round. It must be possible to
   service the trains satisfactorily when they come to the workshop in a
   manner, so that the trains can be put into service after maintenance
   has been carried out without unnecessary delays.
   For further information please refer to the tender document
   Requirements Specifications Two Train Lifts.
   The two train lifts shall be installed in pits constructed by a design
   and build contractor. The supplier is required to deliver input in
   relation to the pits to the contractor and to collaborate with the
   contractor in finalising the expansion of the CMC on time and budget
   and including clarifying interphases.
   II.2.5)Award criteria
   Criteria below
   Price
   II.2.6)Estimated value
   Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
   II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic
   purchasing system
   Duration in months: 28
   This contract is subject to renewal: no
   II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be
   invited
   Envisaged number of candidates: 3
   Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
   The tenderers will be selected based on the informations on references
   for solved task similar to the ones put out to tender among the
   applicants, which fulfils the minimum requirement in section III.1.2)
   and III.1.3) and have submitted a filled in, signed and dated European
   Standard Procurement Document (ESPD).
   The relevance of the experience in the references will form basis for
   the evaluation and selection. It will be assessed positively if the
   references document solid experience with supply, installation and
   maintenance of train lifts similar to the train lifts put our to
   tender.
   II.2.10)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2.11)Information about options
   Options: yes
   Description of options:
   Maintenance of the two train lifts for year 2 to 6 after the
   commissioning is an option in the contract.
   Procurement of critical spare parts is an option in the contract.
   For further information please refer to the tender documents, in
   special the Requirement for Service.
   II.2.13)Information about European Union funds
   The procurement is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   II.2.14)Additional information
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions for participation
   III.1.2)Economic and financial standing
   List and brief description of selection criteria:
   Information on the applicants below mentioned economic key figures for
   the last 3 years (if available) need to be filled in section IV.B) in
   the ESPD:
    general yearly turnover;
    financial ratio: solidity;
    other economic and financial requirement;
    result after taxation;
    equity;
    early turnover related to supply, installation and maintenance of
   train lifts.
   Formalities:
   If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
   each member of the consortium. Further a description of the roles of
   each member and an argumentation for the need of the consortium need to
   be filled in section II.A) in the ESPD.
   If the applications is based on a third party; the third party need to
   fill in section IV.B) in the ESPD.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   The equity are not allowed to be negative in the last available
   financial report.
   The result after taxation are not allowed to be negative in all of the
   last three available financial reports.
   The yearly turnover related to supply, installation and maintenance of
   train lifts must exceed DKK 20 millions per year.
   III.1.3)Technical and professional ability
   List and brief description of selection criteria:
   Up to five references may be filled in the section IV.C) of the ESPD.
   For each reference the following information is required:
    description and technical specifications of the lift(s) supplied and
   the use/purpose of the lift;
    description of the installation of the lift(s) provided by the
   applicant;
    description of the maintenance of the lift(s) provided by the
   applicant;
    date for commissioning of the lifts (need to be after 1 January
   2016);
    the contract sum for the lift(s) specified in supply, installation
   and maintenance;
    the name of the client and contact information for a contact person
   in the clients organisation.
   MS reserves the right to contact the contact person mentioned above.
   If the references includes pictures, diagrams or similar, which cannot
   be entered into the ESPD it is allowed to submit the reference in a
   separate PDF-file. In that case a precise reference to the document
   needs to be entered in the ESPD.
   Formalities:
   If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
   each member of the consortium. Further a description of the roles of
   each member and an argumentation for the need of the consortium need to
   be filled in section II.A) in the ESPD.
   If the applications is based on a third party; the third party need to
   fill in section IV.C) in the ESPD.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   The references needs to document solid experience with supply,
   installation and maintenance of lifts comparable to the one put out to
   tender and at least three train lifts similar to the train lifts put
   out for tender need to be documented in the references.
   III.1.4)Objective rules and criteria for participation
   List and brief description of rules and criteria:
   The applicant need to fill in, sign and date an ESPD. Using the ESPD
   system please import an XML-file from [10]www.byggeprojekt.dk Access to
   the system are available after registering via the link in section I.3)
   of the present contract notice.
   The applicant need to fill in section II to V) and date and sign
   section VI) of the ESPD.
   An ESPD is needed for each member of a Consortium, cf. section III.1.2)
   and III.1.3).
   A third party need to fill in an ESPD in accordance with section
   III.1.2) and III.1.3) and date and sign section VI).
   The application need to be submitted via [11]www.byggeprojekt.dk
   III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   Please refer to the tender document Draft Contract.
   III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   If the applicant is a consortium (group of economic operators) the
   members will be asked to be responsible in solidum, cf. Tender
   Conditions, appendix C.
   III.2)Conditions related to the contract
   III.2.2)Contract performance conditions:
   The clients Code of Conduct will form part of the contract.
   Section IV: Procedure
   IV.1)Description
   IV.1.1)Type of procedure
   Negotiated procedure with prior call for competition
   IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system
   IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or
   tenders during negotiation or dialogue
   Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of
   solutions to be discussed or tenders to be negotiated
   IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
   IV.2)Administrative information
   IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   Date: 16/02/2021
   Local time: 13:00
   IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to
   participate to selected candidates
   Date: 25/02/2021
   IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be
   submitted:
   English
   IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about electronic workflows
   Electronic invoicing will be accepted
   Electronic payment will be used
   VI.3)Additional information:
   In relation to section IV.1.4) please be informed that the client
   reserves the right to award the contract based on the initial tenders,
   cf. the Tender Conditions.
   VI.4)Procedures for review
   VI.4.1)Review body
   Official name: Klagenævntet for Udbud
   Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Town: Viborg
   Postal code: 8800
   Country: Denmark
   E-mail: [12]klfu@naevneneshus.dk
   Telephone: +45 72405708
   Internet address:
   [13]https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
   VI.4.3)Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:
   In accordance with Act No 593 of 2 June 2016 om Klagenævn for Udbud
   (Review body) the following deadline for review is applicable:
   Review in relation to not being selected as a tenderer  20 calendar
   days calculated from the day after the clients submission of the
   decision on selection of tenderers, cf. the act § 7 stk. 1.
   Review in relation to other issues: 45 calendar days calculated from
   the day after the clients submission of the contract award decision,
   cf. the act § 7, stk. 2, No 1.
   VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be
   obtained
   Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Postal address: Carl Jacobsen Vej 35
   Town: Valby
   Postal code: 2500
   Country: Denmark
   E-mail: [14]kfst@kfst.dk
   Telephone: +45 41715000
   Internet address: [15]http://www.kfst.dk
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   15/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Klimageräte - CZ-Prag
Klimageräte
Dokument Nr...: 38967-2021 (ID: 2021012609095137722)
Veröffentlicht: 26.01.2021
*
  CZ-Prag: Klimageräte
   2021/S 17/2021 38967
   Berichtigung
   Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
   Lieferauftrag
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [5]2020/S 247-611073)
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Veobecná zdravotní pojiovna eské republiky
   Nationale Identifikationsnummer: 41197518
   Postanschrift: Orlická 2020/4
   Ort: Praha 3
   NUTS-Code: CZ010 Hlavní msto Praha
   Postleitzahl: 130 00
   Land: Tschechien
   Kontaktstelle(n): Pavel ika
   E-Mail: [6]ivana.uhrova@vzp.cz
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.vzp.cz
   Adresse des Beschafferprofils:
   [8]https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Rekonstrukce chlazení v objektu Ústedí VZP R
   Referenznummer der Bekanntmachung: 2000629
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   39717200 Klimageräte
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Pedmtem plnní této veejné zakázky je výmna stávajícího chlazení na
   datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících
   jednotek, vetn rozvod a strojovny, rekonstrukce mezirackového
   chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky
   zabezpeovacích technologií recepce B umístných v objektu Ústedí VZP
   R, Orlická 2020/4, Praha 3.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   21/01/2021
   VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 247-611073
   Abschnitt VII: Änderungen
   VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
   VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
   Abschnitt Nummer: IV.2.2
   Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhta pro doruení nabídek nebo
   ádostí o úast
   Anstatt:
   Tag: 28/01/2021
   Ortszeit: 12:00
   muss es heißen:
   Tag: 04/02/2021
   Ortszeit: 12:00
   Abschnitt Nummer: IV.2.7
   Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
   Anstatt:
   Tag: 28/01/2021
   Ortszeit: 12:00
   muss es heißen:
   Tag: 04/02/2021
   Ortszeit: 12:00
   VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
   Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast: 4. 2. 2021, as: 12:00
   hodin.
   Podmínky pro otevírání nabídek: 4. 2. 2021, as: 12:00 hodin.
References
   5. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611073-2020:TEXT:DE:HTML
   6. mailto:ivana.uhrova@vzp.cz?subject=TED
   7. http://www.vzp.cz/
   8. https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
   9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611073-2020:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2021    S17
   esko-Praha: Klimatizaní zaízení
   2021/S 017-038967
   Oprava
   Oznámení zmn nebo dodatených informací
   Dodávky
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, [5]2020/S 247-611073)
   Právní základ:
   smrnice 2014/24/EU
   Oddíl I: Veejný zadavatel/zadavatel
   I.1)Název a adresa
   Úední název: Veobecná zdravotní pojiovna eské republiky
   Národní identifikaní íslo: 41197518
   Potovní adresa: Orlická 2020/4
   Obec: Praha 3
   Kód NUTS: CZ010 Hlavní msto Praha
   PS: 130 00
   Zem: esko
   Kontaktní osoba: Pavel ika
   E-mail: [6]ivana.uhrova@vzp.cz
   Internetové adresy:
   Hlavní adresa: [7]http://www.vzp.cz
   Adresa profilu zadavatele: [8]https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
   Oddíl II: Pedmt
   II.1)Rozsah veejné zakázky
   II.1.1)Název:
   Rekonstrukce chlazení v objektu Ústedí VZP R
   Spisové íslo: 2000629
   II.1.2)Hlavní kód CPV
   39717200 Klimatizaní zaízení
   II.1.3)Druh zakázky
   Dodávky
   II.1.4)Struný popis:
   Pedmtem plnní této veejné zakázky je výmna stávajícího chlazení na
   datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících
   jednotek, vetn rozvod a strojovny, rekonstrukce mezirackového
   chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky
   zabezpeovacích technologií recepce B umístných v objektu Ústedí VZP
   R, Orlická 2020/4, Praha 3.
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   21/01/2021
   VI.6)Odkaz na pvodní oznámení
   íslo oznámení v Ú. vst. ady S: [9]2020/S 247-611073
   Oddíl VII: Zmny
   VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo pidány
   VII.1.2)Text, který má být opraven v pvodním oznámení
   íslo oddílu: IV.2.2
   Místo v textu, které má být zmnno: Lhta pro doruení nabídek nebo
   ádostí o úast
   Namísto:
   Datum: 28/01/2021
   Místní as: 12:00
   Má být:
   Datum: 04/02/2021
   Místní as: 12:00
   íslo oddílu: IV.2.7
   Místo v textu, které má být zmnno: Podmínky pro otevírání nabídek
   Namísto:
   Datum: 28/01/2021
   Místní as: 12:00
   Má být:
   Datum: 04/02/2021
   Místní as: 12:00
   VII.2)Dalí dodatené informace:
   Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast: 4. 2. 2021, as: 12:00
   hodin.
   Podmínky pro otevírání nabídek: 4. 2. 2021, as: 12:00 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften - DE-Berlin
Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
Dokument Nr...: 8967-2021 (ID: 2021011109034006941)
Veröffentlicht: 11.01.2021
*
  DE-Berlin: Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
   2021/S 6/2021 8967
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
   Energie GmbH (HZB)
   Postanschrift: Hahn-Meitner-Platz 1
   Ort: Berlin
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Postleitzahl: 14109
   Land: Deutschland
   E-Mail: [6]vergabe@helmholtz-berlin.de
   Telefon: +49 30 / 8062-13174
   Fax: +49 30 / 8062-12925
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.helmholtz-berlin.de
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://www.subreport.de/E13725493
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://www.subreport.de/E13725493
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von
   Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein
   verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang
   zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
   unter: [10]https://www.subreport.de
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Großforschungseinrichtung
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: Grundlagenforschung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   PVD Chamber for Sputter Deposition (HI ERN) II
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   38400000 Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Das Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien
   (HI-ERN) erforscht und entwickelt material-und prozessbasierte Lösungen
   für eine klimaneutrale, nachhaltige und kostengünstige
   Nutzbarmachungerneuerbarer Energien. Das Institut beschäftigt sich mit
   der strukturellen und funktionellen Charakterisierung, Modellierung und
   Herstellung von Materialien, die für die Wasserstoff- und Solartechnik
   relevant sind. Das gemeinsame Ziel ist das Verständnis der
   Struktur-Leistungs-Prozessbeziehung auf der Mesoskala.
   Das HI-ERN ist Teil des Forschungszentrums Jülich und wird in enger
   Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
   (FAU) und dem Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) betrieben.
   Beschafft werden soll eine PVD-Anlage, bestehend aus einer
   Einleitungskammer (Kammer 1) mit Standard-CF-Anschlüssen, einer
   Prozesskammer (Kammer 2), die ein Vakuum von mindestens 5 x 10-8 mbar
   ermöglicht, mit optionaler Substrat-Plasma-Vorbehandlung und der
   Nachbehandlung der abgeschiedenen Schichten bei einer gewünschten
   Temperatur. Mindestens eine dieser Kammern sollte mit zusätzlichen
   Standard-CF-Anschlüssen für eine spätere Erweiterung der Anlage, z. B.
   den Anschluss eines Transportgefäßes, ausgestattet sein.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt
   Hauptort der Ausführung:
   Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), HI-ERN
   Schloßplatz 4
   91054 Erlangen
   C/o Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB)
   Hahn-Meitner-Platz 1
   14109 Berlin
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Die PVD-Anlage, soll aus einer Einleitungskammer (Kammer 1) mit
   Standard-CF-Anschlüssen, einer Prozesskammer (Kammer 2), die ein Vakuum
   von mindestens 5x10-8 mbar ermöglicht, mit optionaler
   Substrat-Plasma-Vorbehandlung und der Nachbehandlung der abgeschiedenen
   Schichten bei einer gewünschten Temperatur bestehen. Mindestens eine
   dieser Kammern sollte mit zusätzlichen Standard-CF-Anschlüssen für eine
   spätere Erweiterung der Anlage, z. B. den Anschluss eines
   Transportgefäßes, ausgestattet sein.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Qualitätskriterium - Name: Qualität / Gewichtung: 60 %
   Qualitätskriterium - Name: Lieferzeit / Gewichtung: 5 %
   Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 5 %
   Preis - Gewichtung: 30 %
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 12
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 8
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   Erfüllung der genannten Kriterien zur wirtschaftlichen und finanziellen
   sowie der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
    Handelsregisterauszug.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
    vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Bewerbungsbogen,
    Nachweis der Vertretungsbefugnis bei juristischen Personen,
    unterschriebene Eigenerklärung,
    Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
    Angaben zu Personalstruktur und -qualifikation für das Projekt sowie
   ggf. Benennung von Nachunternehmern,
    Bestätigung und Nachweis, dass die Montage durch unternehmenseigenes
   Personal erfolgt, welches seinerseits entsprechend qualifiziert und
   zertifiziert ist.
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
    Mindestens 3 Referenzen vergleichbarer Komplexität, nicht älter als 3
   Jahre, mit kurzer Beschreibungdes Projektes, dessen Dauer und
   Fertigstellung sowie Angabe eines Ansprechpartners vom Auftraggeber mit
   dessen Position und Telefonnummer und möglichst Referenzschreiben.
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 10/02/2021
   Ortszeit: 10:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 15/02/2021
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Deutsch, Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/05/2021
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
   Die Zahlung erfolgt elektronisch
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Das Vergabeverfahren wird mehrstufig durchgeführt:
   1. Stufe: Teilnahmewettbewerb zur Feststellung der Eignung der
   Bewerber/Bieter
    2. Stufe:
   1. Angebotsabgabe, Prüfung und Wertung, dann Verhandlungsphase,
   2. Angebotsabgabe, Prüfung und Wertung, Zuschlagserteilung.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   Internet-Adresse: [11]www.bundeskartellamt.de
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Verstöße gegen Vergabebestimmungen sind gegenüber dem Auftraggeber
   innerhalb von 10 Kalendertagenzurügen.
   Bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den
   Vergabeunterlagen ergeben, gilt dies bis spätestens zum Ablauf der
   Angebotsfrist.
   Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann
   innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der
   zuständigen Vergabekammer gestellt werden (§ 160 GWB).
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   06/01/2021
References
   6. mailto:vergabe@helmholtz-berlin.de?subject=TED
   7. http://www.helmholtz-berlin.de/
   8. https://www.subreport.de/E13725493
   9. https://www.subreport.de/E13725493
  10. https://www.subreport.de/
  11. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau