(1) Searching for "2021011109034006941" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibungen und Aufträge:
Veranstaltung von Sprachkursen - ES-Sevilla
Veranstaltung von Sprachkursen
Dokument Nr...: 18967-2021 (ID: 2021011509284217182)
Veröffentlicht: 15.01.2021
*
ES-Sevilla: Veranstaltung von Sprachkursen
2021/S 10/2021 18967
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instituto Andaluz de Administración Pública
Nationale Identifikationsnummer: Q9150007D
Postanschrift: C/ Torne, 26
Ort: Sevilla
NUTS-Code: ES618 Sevilla
Postleitzahl: 41002
Land: Spanien
Kontaktstelle(n): César Rodríguez Achútegui
E-Mail: [6]contratacion.iaap@juntadeandalucia.es
Telefon: +34 955042431
Fax: +34 955042444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
[7]http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Cursos de idiomas, modalidad teleformación (online) de inglés y francés
Referenznummer der Bekanntmachung: CONTR 2019/342344
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Los servicios de docencia, gestión administrativa y técnica de cursos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de inglés y francés, en
modalidad teleformación (online) destinados al personal al servicio de
la Administración General de la Junta de Andalucía y al personal no
judicial de la Administración de Justicia de Andalucía.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 233 800.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Inglés: teleformación
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80580000 Veranstaltung von Sprachkursen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Cursos de inglés general de cien horas, modalidad teleformación para 1
400 alumnos.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Test de nivel y progreso / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Contenidos y organización didáctica /
Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Tutorías y clases telefónicas / Gewichtung:
10
Qualitätskriterium - Name: Aula virtual / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Oferta económica más ventajosa / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Aumento del número de clases telefónicas /
Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Aumento del número de ejercicios de composición
escrita / Gewichtung: 12
Kostenkriterium - Name: Aumento del número de palabras por composición
escrita / Gewichtung: 7
Kostenkriterium - Name: Disminución de la ratio de alumnos por tutor /
Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Número de clases virtuales por niveles /
Gewichtung: 6
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2019/S 190-462373
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: LOTE Nº 2020/219
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:
Inglés: teleformación
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Gofluent, S. L. U.
Nationale Identifikationsnummer: B-85838019
Postanschrift: Avenida Burgos, 16 D, 3.ª izquierda
Ort: Madrid
NUTS-Code: ES300 Madrid
Postleitzahl: 28036
Land: Spanien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 196
000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 156 800.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía
Ort: Sevilla
Land: Spanien
E-Mail: [9]tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Internet-Adresse:
[10]http://www.ceh.junta-andalucia.es./contratacion/tribunal_adm/tribun
al.htm
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Recurso especial en materia de contratación del artículo 44 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, quince días
hábiles desde la notificación del acto impugnado. Posteriormente, se
puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde la notificación de la resolución.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2021
References
6. mailto:contratacion.iaap@juntadeandalucia.es?subject=TED
7. http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462373-2019:TEXT:DE:HTML
9. mailto:tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es?subject=TED
10. http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/tribunal_adm/tribunal.htm
OT: 15/01/2021 S10
España-Sevilla: Provisión de cursos de idiomas
2021/S 010-018967
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instituto Andaluz de Administración Pública
Número de identificación fiscal: Q9150007D
Dirección postal: C/ Torne, 26
Localidad: Sevilla
Código NUTS: ES618 Sevilla
Código postal: 41002
País: España
Persona de contacto: César Rodríguez Achútegui
Correo electrónico: [6]contratacion.iaap@juntadeandalucia.es
Teléfono: +34 955042431
Fax: +34 955042444
Direcciones de internet:
Dirección principal:
[7]http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales
Apartado II: Objeto
II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:
Cursos de idiomas, modalidad teleformación (online) de inglés y francés
Número de referencia: CONTR 2019/342344
II.1.2)Código CPV principal
80580000 Provisión de cursos de idiomas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:
Los servicios de docencia, gestión administrativa y técnica de cursos
para el aprendizaje y perfeccionamiento de inglés y francés, en
modalidad teleformación (online) destinados al personal al servicio de
la Administración General de la Junta de Andalucía y al personal no
judicial de la Administración de Justicia de Andalucía.
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 233 800.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Inglés: teleformación
Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80580000 Provisión de cursos de idiomas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES618 Sevilla
II.2.4)Descripción del contrato:
Cursos de inglés general de cien horas, modalidad teleformación para 1
400 alumnos.
II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Test de nivel y progreso / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Contenidos y organización didáctica /
Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Tutorías y clases telefónicas /
Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Aula virtual / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica más ventajosa /
Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de clases
telefónicas / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de ejercicios
de composición escrita / Ponderación: 12
Criterio relativo al coste - Nombre: Aumento del número de palabras por
composición escrita / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Disminución de la ratio de alumnos
por tutor / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Número de clases virtuales por
niveles / Ponderación: 6
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos
de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de
adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: [8]2019/S 190-462373
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de
adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación
en forma de anuncio de información previa
Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: LOTE Nº 2020/219
Lote nº: 2
Denominación:
Inglés: teleformación
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/12/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Gofluent, S. L. U.
Número de identificación fiscal: B-85838019
Dirección postal: Avenida Burgos, 16 D, 3.ª izquierda
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES300 Madrid
Código postal: 28036
País: España
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 196 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 156 800.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía
Localidad: Sevilla
País: España
Correo electrónico:
[9]tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Dirección de internet:
[10]http://www.ceh.junta-andalucia.es./contratacion/tribunal_adm/tribun
al.htm
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación del artículo 44 y
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, quince días
hábiles desde la notificación del acto impugnado. Posteriormente, se
puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde la notificación de la resolución.
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile - DK-Kopenhagen
Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
Installation von Aufzügen
Dokument Nr...: 28967-2021 (ID: 2021012009181727306)
Veröffentlicht: 20.01.2021
*
DK-Kopenhagen: Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
2021/S 13/2021 28967
Auftragsbekanntmachung Sektoren
Lieferauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Metroselskabet I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823699
Postanschrift: Metrovej 5
Ort: København S
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Carsten Larsen
E-Mail: [6]procurement@m.dk
Telefon: +45 72424874
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.m.dk
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere
Auskünfte sind erhältlich unter:
[8]https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Me
trovej
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[9]www.byggeprojekt.dk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Two Train Lifts for CMC Metrovej
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42400000 Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Supply, installation, commissioning and maintenance 1-year after
commissioning of two train lifts for the expansion of the CMC at
Metrovej.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45313100 Installation von Aufzügen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:
At the suppliers factory and at the CMC, Metrovej 3, Copenhagen.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The Copenhagen Metro needs two train lifts for their Control and
Maintenance Center (CMC) for the M1 and M2 lines. The CMC is placed in
Ørestad in Copenhagen.
one train lift with bogie separator;
and one train lift without bogie separator.
Both lifts will be used for lifting/lowering metro trains for
performing maintenance as well as for replacement of components.
Furthermore, the train lift with bogie separator must, naturally, be
designed so it is possible to exchanging the bogies.
The Metro train are all the same design. It is designed as a 3 cars-4
bogies unit (3 engine bogies + 1 trailer bogie). There are six pairs of
lifting points on the car body.
Both train lifts must be of the type underfloor lifting systems floors.
In order to provide a good working environment where, for example, you
should be able to push carts across the floor without having to climb
graves or other obstacles.
Both lifts must be able to lift a 3-carriage train with four bogies.
The existing lifts are designed to lift the vehicle weight of 80 tons.
The new lifts must also be designed to accommodate this. There is 10
850 mm distance between outer bogie and inner bogie. And between the
two inner bogies there is a distance of 11 000 mm (see the figure
above).
The lifts must be delivered and installed into the pits and ready for
use. Training must be provided for the people who will use the lifts.
In addition, there shall be delivered a service agreement for the first
year of service.
The service agreement is intended to ensure that the lift is functional
and reliable, as the Metro workshop is very dependent on their
auxiliary machines working 24/7 all year round. It must be possible to
service the trains satisfactorily when they come to the workshop in a
manner, so that the trains can be put into service after maintenance
has been carried out without unnecessary delays.
For further information please refer to the tender document
Requirements Specifications Two Train Lifts.
The two train lifts shall be installed in pits constructed by a design
and build contractor. The supplier is required to deliver input in
relation to the pits to the contractor and to collaborate with the
contractor in finalising the expansion of the CMC on time and budget
and including clarifying interphases.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
The tenderers will be selected based on the informations on references
for solved task similar to the ones put out to tender among the
applicants, which fulfils the minimum requirement in section III.1.2)
and III.1.3) and have submitted a filled in, signed and dated European
Standard Procurement Document (ESPD).
The relevance of the experience in the references will form basis for
the evaluation and selection. It will be assessed positively if the
references document solid experience with supply, installation and
maintenance of train lifts similar to the train lifts put our to
tender.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Maintenance of the two train lifts for year 2 to 6 after the
commissioning is an option in the contract.
Procurement of critical spare parts is an option in the contract.
For further information please refer to the tender documents, in
special the Requirement for Service.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Information on the applicants below mentioned economic key figures for
the last 3 years (if available) need to be filled in section IV.B) in
the ESPD:
general yearly turnover;
financial ratio: solidity;
other economic and financial requirement;
result after taxation;
equity;
early turnover related to supply, installation and maintenance of
train lifts.
Formalities:
If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
each member of the consortium. Further a description of the roles of
each member and an argumentation for the need of the consortium need to
be filled in section II.A) in the ESPD.
If the applications is based on a third party; the third party need to
fill in section IV.B) in the ESPD.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
The equity are not allowed to be negative in the last available
financial report.
The result after taxation are not allowed to be negative in all of the
last three available financial reports.
The yearly turnover related to supply, installation and maintenance of
train lifts must exceed DKK 20 millions per year.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Up to five references may be filled in the section IV.C) of the ESPD.
For each reference the following information is required:
description and technical specifications of the lift(s) supplied and
the use/purpose of the lift;
description of the installation of the lift(s) provided by the
applicant;
description of the maintenance of the lift(s) provided by the
applicant;
date for commissioning of the lifts (need to be after 1 January
2016);
the contract sum for the lift(s) specified in supply, installation
and maintenance;
the name of the client and contact information for a contact person
in the clients organisation.
MS reserves the right to contact the contact person mentioned above.
If the references includes pictures, diagrams or similar, which cannot
be entered into the ESPD it is allowed to submit the reference in a
separate PDF-file. In that case a precise reference to the document
needs to be entered in the ESPD.
Formalities:
If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
each member of the consortium. Further a description of the roles of
each member and an argumentation for the need of the consortium need to
be filled in section II.A) in the ESPD.
If the applications is based on a third party; the third party need to
fill in section IV.C) in the ESPD.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
The references needs to document solid experience with supply,
installation and maintenance of lifts comparable to the one put out to
tender and at least three train lifts similar to the train lifts put
out for tender need to be documented in the references.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:
The applicant need to fill in, sign and date an ESPD. Using the ESPD
system please import an XML-file from [10]www.byggeprojekt.dk Access to
the system are available after registering via the link in section I.3)
of the present contract notice.
The applicant need to fill in section II to V) and date and sign
section VI) of the ESPD.
An ESPD is needed for each member of a Consortium, cf. section III.1.2)
and III.1.3).
A third party need to fill in an ESPD in accordance with section
III.1.2) and III.1.3) and date and sign section VI).
The application need to be submitted via [11]www.byggeprojekt.dk
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Please refer to the tender document Draft Contract.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt
wird, haben muss:
If the applicant is a consortium (group of economic operators) the
members will be asked to be responsible in solidum, cf. Tender
Conditions, appendix C.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
The clients Code of Conduct will form part of the contract.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2021
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 25/02/2021
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote)
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
In relation to section IV.1.4) please be informed that the client
reserves the right to award the contract based on the initial tenders,
cf. the Tender Conditions.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævntet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: [12]klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse:
[13]https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
In accordance with Act No 593 of 2 June 2016 om Klagenævn for Udbud
(Review body) the following deadline for review is applicable:
Review in relation to not being selected as a tenderer 20 calendar
days calculated from the day after the clients submission of the
decision on selection of tenderers, cf. the act § 7 stk. 1.
Review in relation to other issues: 45 calendar days calculated from
the day after the clients submission of the contract award decision,
cf. the act § 7, stk. 2, No 1.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsen Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: [14]kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: [15]http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/01/2021
References
6. mailto:procurement@m.dk?subject=TED
7. http://www.m.dk/
8. https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Metrovej
9. http://www.byggeprojekt.dk/
10. http://www.byggeprojekt.dk/
11. http://www.byggeprojekt.dk/
12. mailto:klfu@naevneneshus.dk?subject=TED
13. https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
14. mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
15. http://www.kfst.dk/
OT: 20/01/2021 S13
Denmark-Copenhagen: Lifting and handling equipment and parts
2021/S 013-028967
Contract notice utilities
Supplies
Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity
I.1)Name and addresses
Official name: Metroselskabet I/S
National registration number: 30823699
Postal address: Metrovej 5
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Carsten Larsen
E-mail: [6]procurement@m.dk
Telephone: +45 72424874
Internet address(es):
Main address: [7]http://www.m.dk
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information
can be obtained at:
[8]https://app.byggeprojekt.dk/public/1682-Two_Train_Lifts_for_CMC_-_Me
trovej
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically
via: [9]www.byggeprojekt.dk
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Two Train Lifts for CMC Metrovej
II.1.2)Main CPV code
42400000 Lifting and handling equipment and parts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:
Supply, installation, commissioning and maintenance 1-year after
commissioning of two train lifts for the expansion of the CMC at
Metrovej.
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45313100 Lift installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:
At the suppliers factory and at the CMC, Metrovej 3, Copenhagen.
II.2.4)Description of the procurement:
The Copenhagen Metro needs two train lifts for their Control and
Maintenance Center (CMC) for the M1 and M2 lines. The CMC is placed in
Ørestad in Copenhagen.
one train lift with bogie separator;
and one train lift without bogie separator.
Both lifts will be used for lifting/lowering metro trains for
performing maintenance as well as for replacement of components.
Furthermore, the train lift with bogie separator must, naturally, be
designed so it is possible to exchanging the bogies.
The Metro train are all the same design. It is designed as a 3 cars-4
bogies unit (3 engine bogies + 1 trailer bogie). There are six pairs of
lifting points on the car body.
Both train lifts must be of the type underfloor lifting systems floors.
In order to provide a good working environment where, for example, you
should be able to push carts across the floor without having to climb
graves or other obstacles.
Both lifts must be able to lift a 3-carriage train with four bogies.
The existing lifts are designed to lift the vehicle weight of 80 tons.
The new lifts must also be designed to accommodate this. There is 10
850 mm distance between outer bogie and inner bogie. And between the
two inner bogies there is a distance of 11 000 mm (see the figure
above).
The lifts must be delivered and installed into the pits and ready for
use. Training must be provided for the people who will use the lifts.
In addition, there shall be delivered a service agreement for the first
year of service.
The service agreement is intended to ensure that the lift is functional
and reliable, as the Metro workshop is very dependent on their
auxiliary machines working 24/7 all year round. It must be possible to
service the trains satisfactorily when they come to the workshop in a
manner, so that the trains can be put into service after maintenance
has been carried out without unnecessary delays.
For further information please refer to the tender document
Requirements Specifications Two Train Lifts.
The two train lifts shall be installed in pits constructed by a design
and build contractor. The supplier is required to deliver input in
relation to the pits to the contractor and to collaborate with the
contractor in finalising the expansion of the CMC on time and budget
and including clarifying interphases.
II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic
purchasing system
Duration in months: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be
invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
The tenderers will be selected based on the informations on references
for solved task similar to the ones put out to tender among the
applicants, which fulfils the minimum requirement in section III.1.2)
and III.1.3) and have submitted a filled in, signed and dated European
Standard Procurement Document (ESPD).
The relevance of the experience in the references will form basis for
the evaluation and selection. It will be assessed positively if the
references document solid experience with supply, installation and
maintenance of train lifts similar to the train lifts put our to
tender.
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:
Maintenance of the two train lifts for year 2 to 6 after the
commissioning is an option in the contract.
Procurement of critical spare parts is an option in the contract.
For further information please refer to the tender documents, in
special the Requirement for Service.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Information on the applicants below mentioned economic key figures for
the last 3 years (if available) need to be filled in section IV.B) in
the ESPD:
general yearly turnover;
financial ratio: solidity;
other economic and financial requirement;
result after taxation;
equity;
early turnover related to supply, installation and maintenance of
train lifts.
Formalities:
If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
each member of the consortium. Further a description of the roles of
each member and an argumentation for the need of the consortium need to
be filled in section II.A) in the ESPD.
If the applications is based on a third party; the third party need to
fill in section IV.B) in the ESPD.
Minimum level(s) of standards possibly required:
The equity are not allowed to be negative in the last available
financial report.
The result after taxation are not allowed to be negative in all of the
last three available financial reports.
The yearly turnover related to supply, installation and maintenance of
train lifts must exceed DKK 20 millions per year.
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Up to five references may be filled in the section IV.C) of the ESPD.
For each reference the following information is required:
description and technical specifications of the lift(s) supplied and
the use/purpose of the lift;
description of the installation of the lift(s) provided by the
applicant;
description of the maintenance of the lift(s) provided by the
applicant;
date for commissioning of the lifts (need to be after 1 January
2016);
the contract sum for the lift(s) specified in supply, installation
and maintenance;
the name of the client and contact information for a contact person
in the clients organisation.
MS reserves the right to contact the contact person mentioned above.
If the references includes pictures, diagrams or similar, which cannot
be entered into the ESPD it is allowed to submit the reference in a
separate PDF-file. In that case a precise reference to the document
needs to be entered in the ESPD.
Formalities:
If the application is submitted by a consortium an ESPD is required for
each member of the consortium. Further a description of the roles of
each member and an argumentation for the need of the consortium need to
be filled in section II.A) in the ESPD.
If the applications is based on a third party; the third party need to
fill in section IV.C) in the ESPD.
Minimum level(s) of standards possibly required:
The references needs to document solid experience with supply,
installation and maintenance of lifts comparable to the one put out to
tender and at least three train lifts similar to the train lifts put
out for tender need to be documented in the references.
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
The applicant need to fill in, sign and date an ESPD. Using the ESPD
system please import an XML-file from [10]www.byggeprojekt.dk Access to
the system are available after registering via the link in section I.3)
of the present contract notice.
The applicant need to fill in section II to V) and date and sign
section VI) of the ESPD.
An ESPD is needed for each member of a Consortium, cf. section III.1.2)
and III.1.3).
A third party need to fill in an ESPD in accordance with section
III.1.2) and III.1.3) and date and sign section VI).
The application need to be submitted via [11]www.byggeprojekt.dk
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
Please refer to the tender document Draft Contract.
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
If the applicant is a consortium (group of economic operators) the
members will be asked to be responsible in solidum, cf. Tender
Conditions, appendix C.
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
The clients Code of Conduct will form part of the contract.
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or
tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of
solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to
participate to selected candidates
Date: 25/02/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be
submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
In relation to section IV.1.4) please be informed that the client
reserves the right to award the contract based on the initial tenders,
cf. the Tender Conditions.
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævntet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: [12]klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address:
[13]https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
In accordance with Act No 593 of 2 June 2016 om Klagenævn for Udbud
(Review body) the following deadline for review is applicable:
Review in relation to not being selected as a tenderer 20 calendar
days calculated from the day after the clients submission of the
decision on selection of tenderers, cf. the act § 7 stk. 1.
Review in relation to other issues: 45 calendar days calculated from
the day after the clients submission of the contract award decision,
cf. the act § 7, stk. 2, No 1.
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be
obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsen Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: [14]kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: [15]http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Klimageräte - CZ-Prag
Klimageräte
Dokument Nr...: 38967-2021 (ID: 2021012609095137722)
Veröffentlicht: 26.01.2021
*
CZ-Prag: Klimageräte
2021/S 17/2021 38967
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Lieferauftrag
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [5]2020/S 247-611073)
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veobecná zdravotní pojiovna eské republiky
Nationale Identifikationsnummer: 41197518
Postanschrift: Orlická 2020/4
Ort: Praha 3
NUTS-Code: CZ010 Hlavní msto Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Pavel ika
E-Mail: [6]ivana.uhrova@vzp.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.vzp.cz
Adresse des Beschafferprofils:
[8]https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústedí VZP R
Referenznummer der Bekanntmachung: 2000629
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39717200 Klimageräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Pedmtem plnní této veejné zakázky je výmna stávajícího chlazení na
datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících
jednotek, vetn rozvod a strojovny, rekonstrukce mezirackového
chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky
zabezpeovacích technologií recepce B umístných v objektu Ústedí VZP
R, Orlická 2020/4, Praha 3.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 247-611073
Abschnitt VII: Änderungen
VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhta pro doruení nabídek nebo
ádostí o úast
Anstatt:
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 04/02/2021
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 04/02/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast: 4. 2. 2021, as: 12:00
hodin.
Podmínky pro otevírání nabídek: 4. 2. 2021, as: 12:00 hodin.
References
5. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611073-2020:TEXT:DE:HTML
6. mailto:ivana.uhrova@vzp.cz?subject=TED
7. http://www.vzp.cz/
8. https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611073-2020:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2021 S17
esko-Praha: Klimatizaní zaízení
2021/S 017-038967
Oprava
Oznámení zmn nebo dodatených informací
Dodávky
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, [5]2020/S 247-611073)
Právní základ:
smrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úední název: Veobecná zdravotní pojiovna eské republiky
Národní identifikaní íslo: 41197518
Potovní adresa: Orlická 2020/4
Obec: Praha 3
Kód NUTS: CZ010 Hlavní msto Praha
PS: 130 00
Zem: esko
Kontaktní osoba: Pavel ika
E-mail: [6]ivana.uhrova@vzp.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: [7]http://www.vzp.cz
Adresa profilu zadavatele: [8]https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
Oddíl II: Pedmt
II.1)Rozsah veejné zakázky
II.1.1)Název:
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústedí VZP R
Spisové íslo: 2000629
II.1.2)Hlavní kód CPV
39717200 Klimatizaní zaízení
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Struný popis:
Pedmtem plnní této veejné zakázky je výmna stávajícího chlazení na
datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících
jednotek, vetn rozvod a strojovny, rekonstrukce mezirackového
chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky
zabezpeovacích technologií recepce B umístných v objektu Ústedí VZP
R, Orlická 2020/4, Praha 3.
Oddíl VI: Doplující informace
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/01/2021
VI.6)Odkaz na pvodní oznámení
íslo oznámení v Ú. vst. ady S: [9]2020/S 247-611073
Oddíl VII: Zmny
VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo pidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v pvodním oznámení
íslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být zmnno: Lhta pro doruení nabídek nebo
ádostí o úast
Namísto:
Datum: 28/01/2021
Místní as: 12:00
Má být:
Datum: 04/02/2021
Místní as: 12:00
íslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být zmnno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 28/01/2021
Místní as: 12:00
Má být:
Datum: 04/02/2021
Místní as: 12:00
VII.2)Dalí dodatené informace:
Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast: 4. 2. 2021, as: 12:00
hodin.
Podmínky pro otevírání nabídek: 4. 2. 2021, as: 12:00 hodin.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften - DE-Berlin
Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
Dokument Nr...: 8967-2021 (ID: 2021011109034006941)
Veröffentlicht: 11.01.2021
*
DE-Berlin: Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
2021/S 6/2021 8967
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und
Energie GmbH (HZB)
Postanschrift: Hahn-Meitner-Platz 1
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 14109
Land: Deutschland
E-Mail: [6]vergabe@helmholtz-berlin.de
Telefon: +49 30 / 8062-13174
Fax: +49 30 / 8062-12925
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.helmholtz-berlin.de
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[8]https://www.subreport.de/E13725493
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[9]https://www.subreport.de/E13725493
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von
Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein
verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang
zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
unter: [10]https://www.subreport.de
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Großforschungseinrichtung
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Grundlagenforschung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
PVD Chamber for Sputter Deposition (HI ERN) II
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38400000 Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Das Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien
(HI-ERN) erforscht und entwickelt material-und prozessbasierte Lösungen
für eine klimaneutrale, nachhaltige und kostengünstige
Nutzbarmachungerneuerbarer Energien. Das Institut beschäftigt sich mit
der strukturellen und funktionellen Charakterisierung, Modellierung und
Herstellung von Materialien, die für die Wasserstoff- und Solartechnik
relevant sind. Das gemeinsame Ziel ist das Verständnis der
Struktur-Leistungs-Prozessbeziehung auf der Mesoskala.
Das HI-ERN ist Teil des Forschungszentrums Jülich und wird in enger
Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) und dem Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) betrieben.
Beschafft werden soll eine PVD-Anlage, bestehend aus einer
Einleitungskammer (Kammer 1) mit Standard-CF-Anschlüssen, einer
Prozesskammer (Kammer 2), die ein Vakuum von mindestens 5 x 10-8 mbar
ermöglicht, mit optionaler Substrat-Plasma-Vorbehandlung und der
Nachbehandlung der abgeschiedenen Schichten bei einer gewünschten
Temperatur. Mindestens eine dieser Kammern sollte mit zusätzlichen
Standard-CF-Anschlüssen für eine spätere Erweiterung der Anlage, z. B.
den Anschluss eines Transportgefäßes, ausgestattet sein.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), HI-ERN
Schloßplatz 4
91054 Erlangen
C/o Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB)
Hahn-Meitner-Platz 1
14109 Berlin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Die PVD-Anlage, soll aus einer Einleitungskammer (Kammer 1) mit
Standard-CF-Anschlüssen, einer Prozesskammer (Kammer 2), die ein Vakuum
von mindestens 5x10-8 mbar ermöglicht, mit optionaler
Substrat-Plasma-Vorbehandlung und der Nachbehandlung der abgeschiedenen
Schichten bei einer gewünschten Temperatur bestehen. Mindestens eine
dieser Kammern sollte mit zusätzlichen Standard-CF-Anschlüssen für eine
spätere Erweiterung der Anlage, z. B. den Anschluss eines
Transportgefäßes, ausgestattet sein.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Qualität / Gewichtung: 60 %
Qualitätskriterium - Name: Lieferzeit / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 5 %
Preis - Gewichtung: 30 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 8
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Erfüllung der genannten Kriterien zur wirtschaftlichen und finanziellen
sowie der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Handelsregisterauszug.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Bewerbungsbogen,
Nachweis der Vertretungsbefugnis bei juristischen Personen,
unterschriebene Eigenerklärung,
Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Angaben zu Personalstruktur und -qualifikation für das Projekt sowie
ggf. Benennung von Nachunternehmern,
Bestätigung und Nachweis, dass die Montage durch unternehmenseigenes
Personal erfolgt, welches seinerseits entsprechend qualifiziert und
zertifiziert ist.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
Mindestens 3 Referenzen vergleichbarer Komplexität, nicht älter als 3
Jahre, mit kurzer Beschreibungdes Projektes, dessen Dauer und
Fertigstellung sowie Angabe eines Ansprechpartners vom Auftraggeber mit
dessen Position und Telefonnummer und möglichst Referenzschreiben.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/02/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 15/02/2021
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/05/2021
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Das Vergabeverfahren wird mehrstufig durchgeführt:
1. Stufe: Teilnahmewettbewerb zur Feststellung der Eignung der
Bewerber/Bieter
2. Stufe:
1. Angebotsabgabe, Prüfung und Wertung, dann Verhandlungsphase,
2. Angebotsabgabe, Prüfung und Wertung, Zuschlagserteilung.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
Internet-Adresse: [11]www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Verstöße gegen Vergabebestimmungen sind gegenüber dem Auftraggeber
innerhalb von 10 Kalendertagenzurügen.
Bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen ergeben, gilt dies bis spätestens zum Ablauf der
Angebotsfrist.
Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann
innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der
zuständigen Vergabekammer gestellt werden (§ 160 GWB).
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/01/2021
References
6. mailto:vergabe@helmholtz-berlin.de?subject=TED
7. http://www.helmholtz-berlin.de/
8. https://www.subreport.de/E13725493
9. https://www.subreport.de/E13725493
10. https://www.subreport.de/
11. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|