Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2020072809124773638" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Beratung im Bereich Energieeinsparung - DE-Eschborn
Beratung im Bereich Energieeinsparung
Dokument Nr...: 354653-2020 (ID: 2020072809124773638)
Veröffentlicht: 28.07.2020
*
  DE-Eschborn: Beratung im Bereich Energieeinsparung
   2020/S 144/2020 354653
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale
   Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
   Ort: Eschborn
   NUTS-Code: DE71A Main-Taunus-Kreis
   Postleitzahl: 65760
   Land: Deutschland
   E-Mail: [6]marion.chevalier@giz.de
   Telefon: +49 6196794017
   Fax: +49 619679804017
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]https://www.giz.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMAQ/document
   s
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMAQ
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH)
   wholly owned by the Federal Republic of Germany
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81259197-Promoting Renewable Energy and Energy Efficiency in Public
   Buildings in Ghana
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81259197
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The Renewable Energy and Energy Efficiency in the Public Sector Ghana
   (REEEPublic) project seeks to reduce electricity consumption of public
   (government owned) institutions in order to reduce the overall energy
   sector debt Ghana faces. The project will advise the Ministry of Energy
   and other relevant actors in the energy sector on implementing the
   to-be-amended Renewable Energy Act (RE Act) and will support the
   government in reducing the electricity costs of public facilities. It
   will set up, test and implement a system for rating and certifying
   buildings with regard to energy efficiency. The project strengthens an
   existing government initiative to promote RE and EE in public
   institutions, and it implements demonstration projects to improve
   energy efficiency and to use renewable energy in public institutions in
   selected regions and municipalities of the country. Training measures
   for skilled workers will be offered as an integral part of the project.
   The REEEPublic project is financed by the German Federal Ministry for
   Economic Cooperation and Development (BMZ) with a duration from July
   2019 through December 2021. This tender regards the implementation of
   all five outputs of the REEEPublic project.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00 Not specified
   Hauptort der Ausführung:
   00000 Ghana.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   This tender concerns the implementation of outputs one to five of the
   REEEPublic project described above. In general, the contractor will
   deliver services that contribute to achieving REEEpublic"s outputs and
   fulfil the project outcome indicators. The contractor is expected to
   deliver services as described below:
   Under output 1, the contractor will provide services covering the
   preparation of studies on issues of grid-connected renewable energies
   based on demand of concerned stakeholders (Energy Commission (EC),
   Public Utilities Regulatory Commission (PURC), Ministry of Energy
   (MoE)), the preparation of implementing rules and procedures for
   instruments implementing the Renewable Energy Act (REA) and the
   conducting of demand driven capacity development (CD) activities for
   officers of MoE, EC and PURC and other stakeholders on topics relevant
   to the implementation of the REA (e.g. net metering, auctions, etc.)
   Under output 2, the contractor will support a local implementing
   partner, contracted separately by the project, in developing a method
   for calculating and certifying the specific energy consumption (SEC) of
   buildings and a system for licensing auditors who can use this method.
   The contractor will also support the development of a standard with
   minimum requirements including limit values/criteria for the
   classification of buildings into different energy efficiency (EE)
   classes. The contractor will support the drafting of a regulation to
   introduce mandatory energy performance certification and display of the
   certification for selected building types. In addition, a national data
   base of the energy performance of buildings will be established.
   For output 3, the contractor will undertake the drafting of a 5-year
   Building Sustainable Energy Action Plan (BSEAP) for the national
   initiative to promote EE and Renewable Energy (RE) in public
   institutions and provide services for the establishment and support for
   a steering committee that oversees, coordinates and guides in an
   effective and efficient manner the BSEAP drafting and its future
   implementation. The contractor will develop a communication strategy
   and an institutionalized Monitoring, Recording and Verification (MRV)
   system for monitoring and reporting progress and impact of BSEAP
   implementation.
   Under output 4, the contractor will support a local implementing
   partner, contracted separately by the project, in identifying 8 public
   buildings in selected regions and districts and in conducting an
   investment grade energy audit of each building. The contractor will
   support the implementing partner in selecting technically viable and
   cost-effective energy saving recommendations, and on this basis
   prepares the tender documents the energy-efficient refurbishment these
   buildings or the installation of renewable energy systems for
   self-sufficiency with electricity and hot water. The contractor will
   support dissemination of the results of EE and RE measures and will
   draft recommendations on scaling up such measures on the national
   level.
   All training and capacity development actions related to the outputs of
   the project are subsumed under output 5 which mainly concerns the
   capacity development of experts, to improve the supply of qualified
   experts in the fields of EE and RE. Capacity development actions shall
   be strictly demand driven and based on consultations with relevant
   stakeholders about their capacity development needs.
   The specific tasks performed by the Contractor are based on the project
   activities from the project proposal for BMZ and include inter alia
   implementation of selected key activities of the logical framework
   matrix (LFM) of the project. In particular, the tasks also cover
   coordination and cooperation with all relevant actors. General support
   tasks by the contractor will cover planning, management and
   supervision, public relations activities, knowledge management,
   reporting to BMZ and other ad hoc tasks.
   The contractor will deliver the above activities in a 12-month period
   from contract signing using long-term experts and a short-term expert
   pool.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 01/11/2020
   Ende: 31/10/2021
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Trading name and address, commercial register number.
   2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
   123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
   apply.
   3) Eligibility declaration subcontractors if applicable.
   4) Association clause if applicable.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1) Average annual turnover for the last three years at least
   1,000,000.00 EUR.
   2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 7
   persons.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1) At least 8 reference projects in the technical field Renewable
   Energy and Energy Efficiency and at least 2 reference projects in the
   region Africa in the last 3 years.
   2) The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of EUR 100 000.00.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 28/08/2020
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2020
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 28/08/2020
   Ortszeit: 12:00
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Communication / questions can only be submitted using GIZ"s
   eProcurement Tender Platform for the award of contracts.
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YMAQ
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   E-Mail: [10]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [11]https://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as:
   1) the applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected,
   2) complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the contracting authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice.
   3) complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the contracting
   authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids,
   4) more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the contracting authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   24/07/2020
References
   6. mailto:marion.chevalier@giz.de?subject=TED
   7. https://www.giz.de/
   8. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMAQ/documents
   9. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMAQ
  10. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  11. https://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau