Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2020021009211154581" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Beratung in Sachen Evaluierung - DE-Köln
Beratung in Sachen Evaluierung
Dokument Nr...: 64746-2020 (ID: 2020021009211154581)
Veröffentlicht: 10.02.2020
*
  DE-Köln: Beratung in Sachen Evaluierung
   2020/S 28/2020 64746
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: DEG  Deutsche Investitions-und
   Entwicklungsgesellschaft mbH
   Postanschrift: Kämmergasse 22
   Ort: Köln
   NUTS-Code: DEA23
   Postleitzahl: 50676
   Land: Deutschland
   Kontaktstelle(n): Stefanie Klenke
   E-Mail: [6]stefanie.klenke@deginvest.de
   Telefon: +49 2214986-1205
   Fax: +49 2214986-931205
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]www.deginvest.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRJDEBK/documents
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRJDEBK
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Branch of the federally owned KfW
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Wirtschaft und Finanzen
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Evaluation Consultancy Services (Kopie)
   Referenznummer der Bekanntmachung: 109/2019 (Kopie)
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   79419000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   As one of Europe's largest development finance institutions, DEG
   promotes private business structures to contribute to sustainable
   economic growth and improved living conditions. In order to support
   DEG's financial sector clients in the process of developing and
   implementing an adequate environmental and social management system to
   manage their specific environmental and social risks DEG is seeking to
   engage consultants under a framework agreement to provide related
   guidance and advice to this group of DEG's clients.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DEA23
   Hauptort der Ausführung:
   DEG  Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH
   Kämmergasse 22 50676 Köln. The services of the consultant will be
   rendered mainly at his or her place of business. Onsite visits at the
   clients facilities in developing countries and emerging markets will
   become necessary.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   As one of Europe's largest development finance institutions, DEG
   promotes private business structures to contribute to sustainable
   economic growth and improved living conditions. DEG invests in
   profitable projects that contribute to sustainable development in all
   sectors of the economy, from agribusiness to infrastructure and
   manufacturing to services. The financial sector is a further focus in
   order to facilitate reliable access to investment capital locally.
   Environmental and social issues have become an element of management
   decision processes in the financial sector worldwide. DEG's
   environmental and social requirements generally encompass the
   compliance of DEG's clients with national environmental and social laws
   and regulations, ILO Core Labour Conventions, World Bank/IFC
   Performance Standards (IFC PS) and relevant sector guidelines for all
   applicable projects with high risks, DEG's own exclusion list for its
   entire portfolio, E&S requirements of other DFIs, like IFC, EBRD or
   EDFIs.
   In order to support DEG's financial sector clients in the process of
   developing and implementing an adequate environmental and social
   management system to manage their specific environmental and social
   risks DEG is seeking to engage consultants under a framework agreement
   to provide related guidance and advice to this group of DEG clients.
   DEG has elaborated terms of reference for commissioning various
   individual ESMS advisories under a framework agreements. Every
   individual assignment thereunder will be commissioned through an
   engagement order specifying details such as timeframe, staff involved
   and costs with each individual FI. DEG reserves to conclude the
   framework agreement envisaged with up to 6 operators. In the course of
   an assignment, onsite visits at the clients facilities will be
   mandatory. A very detailed description of the services to be rendered
   can be found in the terms of reference. In selected cases the operator
   shall also provide other E&S risk related, non-assignment related
   advisory services to DEG or other external parties described in the
   terms of reference.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Qualitätskriterium - Name: 1) Quality of the bidder's approach to
   deliver the tendered services (as demonstrated by the quality of the
   description of the bidder's approach in the offer, the quality of the
   submitted ESMS template for FI and the quality of the bidder's personal
   presentation at DEG's offices in Cologne) / Gewichtung: 60
   Qualitätskriterium - Name: 2) Terms of the contract / Gewichtung: 10
   Kostenkriterium - Name: Costs according to the following pricing model
   / Gewichtung: 30
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 48
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 8
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   1) Number and quality of references and track record (30 %);
   2) Qualifications and experience of the bidder's envisaged team (70 %).
   A detailed description of the above mentioned criteria is to be found
   in document Rating Matrix and Rating Procedure Requests to
   Participate.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   (a) (on request of the contracting authority) proof of the economic
   operator's incorporation and/or registration, as prescribed in its
   country of origin, on one of the professional or trade registers or
   provision of a certificate or an oath that it is engaged in the
   profession in question in a specific place and a given business name,
   (b) (On request of the contracting authority) proof of payment of the
   operator's taxes according to the legal provisions of its country of
   origin;
   (c) (On request of the contracting authority) proof of payment of the
   operator's social security contributions according to the legal
   provisions of its country of origin;
   (d) declaration of the economic operator that reasons for exclusion
   from participation do not exist. For this declaration, a standard form
   is provided in the specifications.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (a) (on request of the contracting authority) statement of the
   company's overall turnover of the last 3 financial years available;
   (b) (at the operator's option) further proof concerning its economical
   and financial capacity, e.g. estimated turnover of the current year.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (a) description of similar projects (related to the company as a whole
    not related to the single members of the envisaged team for the
   tendered services) in the last 8 years. The references shall show
   experience in implementing environmental and social management systems
   at FI and Funds and according knowledge and application of IFC
   performance standards, IFC EHS guidelines as well as other DFI (EDFI,
   EBRD) standards, ILO Core Labour Standards and Green Finance
   opportunities related advisory for FI and Funds;
   (b) an indication of a team consisting of environmental and social
   specialists including a framework coordinator with regional expertise
   in the DEG's target regions Africa, Asia, Eastern Europe/Middle
   East/Central Asia and/or Latin America as well as a track record in the
   implementation of ESMS in these regions;
   (c) an indication of the educational and professional qualification of
   the team of specialists including a framework coordinator;
   (d) evidence regarding the level of language skills available in the
   team of environmental and social specialists including a framework
   coordinator.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   (b) track record of the team members: the description of each reference
   has to include name and address of the client, (if possible) client's
   contact person with phone number and email address, rendered services
   and time of performance;
   (d) English being a must for all team members and at least 1 other
   language of the following on team level: Spanish, French, Mandarin,
   Arabic, Russian, Bahasa Indonesia, Vietnamese and/or Thai.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   The performance of the contract is subject to particular conditions.
   The team for this engagement should consist of a number of
   environmental and social specialists, combining local knowledge and
   language skills with sound experience in developing and implementing
   ESMS according to international standards in the finance sector.
   Additionally, the operator will have to provide a framework contract
   coordinator. The operator should have the flexibility to carry out site
   visits with a lead-time of no more than 2-4 weeks.
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
   Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 6
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 09/03/2020
   Ortszeit: 10:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Deutsch, Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Notice-ID: CXP4YRJDEBK
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   E-Mail: [10]poststelle@bundeskartellamt.bund.de
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse: [11]www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Petition for review on grounds of alleged violations of procurement law
   are inadmissable according to Sec. 160 para. 3, sentence 1, No 4 of the
   Federal Act against Restraints of Competition (Gesetz gegen
   Wettbewerbsbeschränkungen  GWB) if more than 15 calendar days have
   passed since the economic operator has received a notification by the
   contracting authority that it will not remedy the economic operator's
   objection.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   05/02/2020
References
   6. mailto:stefanie.klenke@deginvest.de?subject=TED
   7. http://www.deginvest.de/
   8. https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRJDEBK/documents
   9. https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRJDEBK
  10. mailto:poststelle@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  11. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau