(1) Searching for "2017112309120851963" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 468598-2017 (ID: 2017112309120851963)
Veröffentlicht: 23.11.2017
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2017/S 225/2017 468598
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
Telefon: +49 69975822156
E-Mail: [1]giz@hfk.de
Fax: +49 69975822225
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/biddingopportunities-services
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
HFK Rechtsanwälte LLP
Stephanstr. 3
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
E-Mail: [4]giz@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.hfk.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
HFK Rechtsanwälte LLP
Stephanstr. 3
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Pauka
E-Mail: [6]giz@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.hfk.de
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: development coorperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81214293 -e-waste Ghana LOT 1: Policy advice.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Expertpool for Policy Advice in Sustainable Management of E-Waste in
Ghana.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Ghana.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Population growth, rising prosperity and changing consumer habits have
led to the increasing use of electrical and electronic gadgets in Ghana
as in other developing and emerging countries. This has resulted in the
growing quantities of electrical and electronic waste (e-waste). In
addition, some of the electronic devices arrive in Ghana as second-hand
goods with a shorter useful life while around 15 % of these imports are
considered e-waste on arrival.
The existing practice of recycling and disposing of e-waste involves
substantial environmental pollution. Contamination of soil and surface
waters with heavy metals and persistent organic pollutants (POPs) is
significant, resulting in serious environmental and health impacts.
Those directly affected are the (exclusively male) e-waste collectors
and recyclers, who work in the informal sector. These are primarily
poor men who have migrated from the northern part of the country. In
addition to the environmental and health risks due to their work, they
are vulnerable because of their strong economic dependence on e-waste
recycling. Indirect victims of improper e-waste recycling are the
people and enterprises living and working in the area around waste
sites such as Old Fadama.
Ghana's Government and the city administration of Accra have recognised
these problems and aim to find long-term solutions. However, some of
the conditions for sustainable e-waste management in Ghana are not in
place (core problem).
The module objective is accordingly: the conditions for sustainable
e-waste management in Ghana are improved. The project is designed to
cover the entire territory of Ghana, with a strong but not exclusive
focus on the Greater Accra region.
It follows a multi-stakeholder approach at several levels. To achieve
the module objective, the project will operate in three fields of
activity that reflect the three levels of intervention.
Field of activity 1 aims to improve the policy framework for
sustainable management of e-waste. The focus is on capacity development
for partner institutions at the individual and organisational level for
introducing and applying policy instruments to manage e-waste.
In field of activity 2, the emphasis is on developing economically
viable business models for sustainable management of e-waste.
Field of activity 3 aims to develop the capacities of actors in the
informal sector for e-waste management that is less damaging to the
environment and human health. The focus is on promoting the individual
and organisational skills of both the people directly involved in the
recycling and disposal processes and their associations, and the people
living and working in the surrounding area. In addition, cross-cutting
communication and networking activities will be carried out.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Within the framework of the basic project described in the terms of
reference (ToR), GIZ reserves the right to award contracts for
additional services of this type in accordance with the public
procurement law to the successful company in this procedure by means of
a negotiated procedure without a prior call for competition, or to
enter into a follow-on contract.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Declaration on the Commercial Register, if the applicant or the
member of the consortium is registered.
(2) Declaration on the personal situation of the applicant or the
member of the consortium, consisting of:
(a) Declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
per section 123 Act against Restraints of Competition (Competition Act
GWB) or on the remedial actions and the measures;
(b) Declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
per section 124 GWB or on the remedialactions and the measures.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
to tender held within 6 months of end of last financial year).
(2) Declaration on the employees of the applicant or the member of the
consortium as at 31.12.2016.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
For (1): At least 450 000 EUR (net) for the applicant or the
consortium.
for (2): At least 5 employees for the applicant or the consortium.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
consortium in the technical field of Policy advice sustainable e-waste
management systems', in particular information on the project title,
the client, the period, the contract value in EUR, the country, the
region, technical experience, ODA financing and project description.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 3 reference projects in the technical field Policy advice
sustainable e-waste management systems.
All reference projects must have been provided within the last 3
years with a minimum commission value of at least 250 000 EUR (net).
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/12/2017
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/01/2018
Ortszeit: 12:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
(1) An application is only possible using the required documents
provided by the contracting authority (compare sec. I.3) of this notice
communication). The documents must be completed in English. Formless
applications will not be considered. The documents must be submitted
together in triplicate, on time and locked.
(2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
information for every member. They have to mark this information
accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
represent the consortium and receive payments for all members in
discharge of the liability for the contracting authority. A formal
agreement to this effect must be signed by each member of the
consortium and attached to the offer.
(3) The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge,
at:[8]https://www.giz.de/biddingopportunities-services. On this page
look for the transaction number 81214293 to get to the documents.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [9]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[10]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to section 160, paragraph 3 sentence 1 Act against Restraint
of Competition (Competition Act GWB), application for the review
proceeding is inadmissible if:
1. The applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for the
review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to section 134, paragraph 2 GWB remains unaffected.
2. Complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the contracting entity at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids.
3. Complaints of infringements of contract award regulations that 1st
become evident in the tender documents are not submitted to the
contracting entity at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids.
4. More than 15 calendar days have expired since receipt of the
notification from the contracting entity that it is unwilling to
redress the complaint.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[12]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2017
References
1. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
4. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
5. http://www.hfk.de/
6. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
7. http://www.hfk.de/
8. https://www.giz.de/biddingopportunities-services
9. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
10. http://www.bundeskartellamt.de/
11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|