Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2017112309120851963" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 468598-2017 (ID: 2017112309120851963)
Veröffentlicht: 23.11.2017
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2017/S 225/2017 468598
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
   Telefon: +49 69975822156
   E-Mail: [1]giz@hfk.de
   Fax: +49 69975822225
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]www.giz.de/biddingopportunities-services
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
   HFK Rechtsanwälte LLP
   Stephanstr. 3
   Frankfurt
   60313
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
   E-Mail: [4]giz@hfk.de
   NUTS-Code: DE712
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [5]www.hfk.de
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
   HFK Rechtsanwälte LLP
   Stephanstr. 3
   Frankfurt
   60313
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Pauka
   E-Mail: [6]giz@hfk.de
   NUTS-Code: DE712
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]www.hfk.de
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: development coorperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81214293 -e-waste Ghana  LOT 1: Policy advice.
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Expertpool for Policy Advice in Sustainable Management of E-Waste in
   Ghana.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   Ghana.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Population growth, rising prosperity and changing consumer habits have
   led to the increasing use of electrical and electronic gadgets in Ghana
   as in other developing and emerging countries. This has resulted in the
   growing quantities of electrical and electronic waste (e-waste). In
   addition, some of the electronic devices arrive in Ghana as second-hand
   goods with a shorter useful life while around 15 % of these imports are
   considered e-waste on arrival.
   The existing practice of recycling and disposing of e-waste involves
   substantial environmental pollution. Contamination of soil and surface
   waters with heavy metals and persistent organic pollutants (POPs) is
   significant, resulting in serious environmental and health impacts.
   Those directly affected are the (exclusively male) e-waste collectors
   and recyclers, who work in the informal sector. These are primarily
   poor men who have migrated from the northern part of the country. In
   addition to the environmental and health risks due to their work, they
   are vulnerable because of their strong economic dependence on e-waste
   recycling. Indirect victims of improper e-waste recycling are the
   people and enterprises living and working in the area around waste
   sites such as Old Fadama.
   Ghana's Government and the city administration of Accra have recognised
   these problems and aim to find long-term solutions. However, some of
   the conditions for sustainable e-waste management in Ghana are not in
   place (core problem).
   The module objective is accordingly: the conditions for sustainable
   e-waste management in Ghana are improved. The project is designed to
   cover the entire territory of Ghana, with a strong but not exclusive
   focus on the Greater Accra region.
   It follows a multi-stakeholder approach at several levels. To achieve
   the module objective, the project will operate in three fields of
   activity that reflect the three levels of intervention.
   Field of activity 1 aims to improve the policy framework for
   sustainable management of e-waste. The focus is on capacity development
   for partner institutions at the individual and organisational level for
   introducing and applying policy instruments to manage e-waste.
   In field of activity 2, the emphasis is on developing economically
   viable business models for sustainable management of e-waste.
   Field of activity 3 aims to develop the capacities of actors in the
   informal sector for e-waste management that is less damaging to the
   environment and human health. The focus is on promoting the individual
   and organisational skills of both the people directly involved in the
   recycling and disposal processes and their associations, and the people
   living and working in the surrounding area. In addition, cross-cutting
   communication and networking activities will be carried out.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 24
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   Within the framework of the basic project described in the terms of
   reference (ToR), GIZ reserves the right to award contracts for
   additional services of this type in accordance with the public
   procurement law to the successful company in this procedure by means of
   a negotiated procedure without a prior call for competition, or to
   enter into a follow-on contract.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Declaration on the Commercial Register, if the applicant or the
   member of the consortium is registered.
   (2) Declaration on the personal situation of the applicant or the
   member of the consortium, consisting of:
   (a) Declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
   per section 123 Act against Restraints of Competition (Competition Act
    GWB) or on the remedial actions and the measures;
   (b) Declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
   per section 124 GWB or on the remedialactions and the measures.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
   years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
   to tender held within 6 months of end of last financial year).
   (2) Declaration on the employees of the applicant or the member of the
   consortium as at 31.12.2016.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   For (1): At least 450 000 EUR (net) for the applicant or the
   consortium.
   for (2): At least 5 employees for the applicant or the consortium.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
   consortium in the technical field of Policy advice sustainable e-waste
   management systems', in particular information on the project title,
   the client, the period, the contract value in EUR, the country, the
   region, technical experience, ODA financing and project description.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
    At least 3 reference projects in the technical field Policy advice
   sustainable e-waste management systems.
    All reference projects must have been provided within the last 3
   years with a minimum commission value of at least 250 000 EUR (net).
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 29/12/2017
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2018
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 02/01/2018
   Ortszeit: 12:00
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   (1) An application is only possible using the required documents
   provided by the contracting authority (compare sec. I.3) of this notice
   communication). The documents must be completed in English. Formless
   applications will not be considered. The documents must be submitted
   together in triplicate, on time and locked.
   (2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
   of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
   information for every member. They have to mark this information
   accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
   represent the consortium and receive payments for all members in
   discharge of the liability for the contracting authority. A formal
   agreement to this effect must be signed by each member of the
   consortium and attached to the offer.
   (3) The procurement documents are available for unrestricted and full
   direct access, free of charge,
   at:[8]https://www.giz.de/biddingopportunities-services. On this page
   look for the transaction number 81214293 to get to the documents.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
   Villemomblerstraße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   E-Mail: [9]info@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:[10]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to section 160, paragraph 3 sentence 1 Act against Restraint
   of Competition (Competition Act  GWB), application for the review
   proceeding is inadmissible if:
   1. The applicant has identified the claimed infringement of the
   contract award regulations before submitting the application for the
   review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
   entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
   pursuant to section 134, paragraph 2 GWB remains unaffected.
   2. Complaints of infringements of contract award regulations that are
   evident in the notice are not submitted to the contracting entity at
   the latest by the expiry of the deadline for the application specified
   in the notice or by the deadline for the submission of bids.
   3. Complaints of infringements of contract award regulations that 1st
   become evident in the tender documents are not submitted to the
   contracting entity at the latest by the expiry of the deadline for
   application or for the submission of bids.
   4. More than 15 calendar days have expired since receipt of the
   notification from the contracting entity that it is unwilling to
   redress the complaint.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
   Villemomblerstraße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:[12]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   21/11/2017
References
   1. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
   2. https://www.giz.de/
   3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
   4. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
   5. http://www.hfk.de/
   6. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
   7. http://www.hfk.de/
   8. https://www.giz.de/biddingopportunities-services
   9. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  10. http://www.bundeskartellamt.de/
  11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau