(1) Searching for "2017071909152527898" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 279241-2017 (ID: 2017071909152527898)
Veröffentlicht: 19.07.2017
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2017/S 136/2017 279241
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB (z. Hd. Herrn
Rechtsanwalt Hendrik Kues)
Telefon: +49 69740938-73
E-Mail: [1]giz@leinemann-partner.de
Fax: +49 69740938-74
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/biddingopportunities-services
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB
Eschersheimer Landstraße 6
Frankfurt am Main
60322
Deutschland
Kontaktstelle(n): Hendrik Kues
E-Mail: [4]giz@leinemann-partner.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]https://www.leinemann-partner.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: development cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81209724-Unterstützung bei der Implementierung von CEFTA und AEO.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
and the International Trade Centre (ITC) have been commissioned by the
European Commission to jointly implement the Action Support to
Facilitation of Trade between CEFTA Parties (the project) in support
of the implementation of the Additional Protocol 5 (AP 5) on Trade
Facilitation to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) in
the time frame 1.1.2017-31.12.2019. The project objective is to
facilitate trade in the CEFTA region through the reduction and eventual
removal of the most distortive non-tariff measures to trade for 2
selected supply chains, and through the simplification of trade related
procedures.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Bosnia and Herzegovina.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
and the International Trade Centre (ITC) have been commissioned by the
European Commission to jointly implement the Action Support to
Facilitation of Trade between CEFTA Parties (the project) in support
of the implementation of the Additional Protocol 5 (AP 5) on Trade
Facilitation to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) in
the time frame 1.1.2017-31.12.2019. The project objective is to
facilitate trade in the CEFTA region through the reduction and eventual
removal of the most distortive non-tariff measures to trade for 2
selected supply chains, and through the simplification of trade related
procedures.
The beneficiaries are the CEFTA Committee of Trade Facilitation,
ministries responsible for trade and agriculture, customs
administrations, technical agencies and private sector across the CEFTA
region. The project takes a product oriented approach, focusing on 2
selected supply chains, and examines the 3 main dimensions that affect
free trade of goods in the CEFTA region: Non-Tariff Measures (NTM)
stemming from non-harmonized legislation and practices, redundant and
overlapping document and data submission requirements for traders, and
excessive and redundant physical inspections at the border.
Subject of invitation for tender is the implementation of Component 3
of the project: Simplification of Customs Clearance Procedures (SCCP)
in the signatory parties to the Central European Free Trade Agreement
(CEFTA). The SCCP constitutes 1 out of 4 components of the project
(Component 0: Horizontal support and private sector involvement;
Component 1: Harmonisation of norms and practices; Component 2:
Streamlining of document and data submission requirements; Component 3:
Simplification of customs clearance procedures).
The SCCP assignment will last from 11.12.2017 10.10.2019 (22 months).
Main task of the assignment is to improve the capacities of CEFTA
Parties to prepare and implement the mutual recognition of national
Authorised Economic Operators' (AEO) Programmes across all CEFTA
Parties. In particular the consultancy will be expected to deliver a
number of outputs in the following three key areas:
Regional Piloting of mutual recognition of national AEO programmes in
CEFTA based on alignment with AP5 and its Annex 3 and their
implementation;
Expansion of Information Exchange and Mutual Recognition according to
Joint Risk Profiling;
Involvement of Other Governmental Agencies in Trade Facilitation.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 22
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
If we receive more than 5 requests to participate, we will make a
selection on the basis of the criteria laid out in the annex and invite
bids only from the 5 companies with the highest scores. We reserve the
right to cancel the contract award procedure if we receive fewer than 3
requests to participate.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Evidence of commercial register entry.
In case of bidding consortia: Declaration by consortium.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Average annual turnover for the last 3 financial years (last-but-four
financial year can be included in case of invitation to tender held
within six months of end of last financial year). At least: 800 000
EUR.
Number of employees as at 31.12. of the previous year: At least: 10
persons.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
At least 5 reference projects in the technical field of simplification
of customs control clearance procedures and at least 1 reference
project in the region South-East Europe in the last three years. The
technical assessment is only based on reference projects with a minimum
commission value of 100 000 EUR.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2017
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 31/08/2017
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[6]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
of Competition, application for re-examination is not permissible
insofar as:
1. the applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for
re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
2. complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
the latest by expiry of the deadline for the application specified in
the notice or by the deadline for the submission of bids,
3. complaints of infringements of contract award regulations that first
become evident in the tender documents are not submitted to the
commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submisison of bids,
4. more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
notification from the commissioning party that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[7]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2017
References
1. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
4. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
5. https://www.leinemann-partner.de/
6. http://www.bundeskartellamt.de/
7. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|