Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2017062409164582229" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 239991-2017 (ID: 2017062409164582229)
Veröffentlicht: 24.06.2017
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2017/S 119/2017 239991
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Sandra McKeever
   Telefon: +49 619679-2171
   E-Mail: [1]sandra.mckeever@giz.de
   Fax: +49 61967980-2171
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]www.giz.de
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]https://www.giz.de/en/workingwithgiz/bidding_procurement.html
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Organisationseinheit E230, Angebotseröffnung, Zimmer
   ED21024
   E-Mail: [4]vel@giz.de
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [5]www.giz.de
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: development cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81214037-TRANSfer III  Short-Term Expert Support on MRV / Transparancy
   Framework for Transport Mitigation Actions.
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   TRANSfer's objective is to increase the efforts of developing countries
   and emerging economies to foster climate-friendly transport with
   international support. TRANSfer facilitates the development mitigations
   measures by establishing multi-donor initiatives and toolkits that
   allow for economies of scale. New measures will be developed in at
   least five countries (including the Philippines, Thailand, Indonesia
   and Peru). International learning processes will foster an increase of
   the ambition level.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE71A
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The support by the consulting firm contributes to the achievement of
   the project outputs as well as the aforementioned support to further
   GIZ projects as part of the project's umbrella function. The focus of
   this tender is on transparency and MRV in the transport sector, in
   particular regarding the following areas:
    MRV / Transparency framework in the transport sector (MRV of
   mitigation actions, National GHG emission inventories for transport,
   Sectoral mitigation scenarios for transport);
    Data collection and processing (Travel Activity Data, Vehicle fleet
   composition data, Country-specific real world fuel consumption data and
   GHG (and pollutant) emission factors);
    Cost Benefit Analysis and Multi-Criteria Analysis (Cobenefits).
   The consulting firm is invited to offer different short term-expert
   pools to support the project team and its counterparts though technical
   assistance in the home country and the countries of assignment as well
   as at the international level.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 15/12/2017
   Ende: 31/12/2020
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   Depending on the mandate and volume of available funding, additional
   services, may be required. In this case, GIZ reserves the right to
   award contracts for additional services of this type of up to about 0.5
   million EUR within the framework of the basic project described in the
   terms of reference to the successful company in this procedure.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Anzahl der Bewerber: 5
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   It is possible that the assignment described in these ToR is broadened
   during the period of implementation of the consultancy contract. In
   this case, the input of the existing experts / expert pools may be
   increased and additional national pools may be added. A contract
   supplement may be offered. Options and conditions for this
   non-compulsory broadening are mainly but not limited to the following:
    Additional demand for technical assistance on MRV and transparency in
   the transport sector.
    Additional partner countries of TRANSfer III: Selection and approval
   by BMUB / commissioning of GIZ.
    Further countries/cities: In case of availability of additional
   resources, formalization of the cooperation and commissioning of GIZ
   (e.g. from the Euroclima+ programme).
    Tunisia: Formalization of the cooperation and approval by BMUB /
   commissioning of GIZ for the envisaged cooperation with the Tunisian
   government.
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   Mandatory grounds for exclusion as per section 123 GWB.
   Optional grounds for exclusion as per section 124 GWB.
   Evidence of commercial register entry.
   In case of bidding consortia: Declaration by consortium.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Average annual turnover for the last three financial years
   (last-but-four financial year can be included in case of invitation to
   tender held within six months of end of last financial year): At least
   500,000 EUR. Number of employees as at 31.12. of the previous year: At
   least 5 persons.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 50 000 EUR. Minimum requirements: At least
   5 reference projects in the technical field MRV, transparency for
   mitigation in transport sector and at least 5 reference projects with
   ref. to developing countries and/or emerging economies in the last 3
   years.
   I. Technical experience.
   Technical experience (up to five specialist areas, including
   cross-cutting themes).
   1. MRV of mitigation actions 14 %.
   2. National transport emission inventories and transport mitigation
   strategies / scenarios 10 %.
   3. Travel activity data collection and processing 10 %.
   4. Fleet composition and emission factor data collection and processing
   14 %.
   5. Sustainable development impacts, cost-benefit analysis,
   multi-criteria analysis 12 %.
   Total I. 60.
   II. Regional experience.
   Regional experience in Africa, South-East Asia, Latin America,
   Europe/OECD 28 %.
   III. Experience of development projects (ODA-financed).
   Experience of development projects (ODA-financed) 12 %.
   Overall total 100 %.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 25/07/2017
   Ortszeit: 23:59
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 17/08/2017
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch, Deutsch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2018
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as:
   1. the applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected,
   2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the contracting authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice,
   3. complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the contracting
   authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids,
   4. more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the contracting authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   20/06/2017
References
   1. mailto:sandra.mckeever@giz.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/
   3. https://www.giz.de/en/workingwithgiz/bidding_procurement.html
   4. mailto:vel@giz.de?subject=TED
   5. http://www.giz.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau