Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2016010209261037365" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Gebäudereinigung - GR-Alexandropolis
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 10073-2016 (ID: 2016011309111047712)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  GR-Alexandropolis: Gebäudereinigung
   2016/S 8/2016 10073
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Panepistimiako Geniko Nosokomeio Ebroy  Nosileytiki Monada,
   Panepistimiako Geniko Nosokomeio Alexandroypolis
   Dragana Alexandroypolis
   Kontaktstelle(n): Panepistimiako Geniko Nosokomeio Ebroy  Nosileytiki
   Monada, Panepistimiako Geniko Nosokomeio Alexandroypolis
   Zu Händen von: Paylos Eleytheriadis
   681 00 Alexandroypoli
   GRIECHENLAND
   Telefon: +30 2551353423
   Fax: +30 2551353409
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.pgna.gr
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90911200
   Beschreibung
   Gebäudereinigung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 11.2.2016 - 15:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   11.2.2016 - 15:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Griechisch.
References
   4. http://www.pgna.gr/
OT: 13/01/2016    S8    - -  -   - 
   
   -:   
   2016/S 008-010073
    
   
    2004/18/
    I:  
   I.1),    
         ,
      
   GR
    
   () :      
   ,    
   :  
   681 00 
   
   : +30 2551353423
    : [6]pelefteriadis@pgna.gr
   : +30 2551353409
   (-)  :
       : [7]http://www.pgna.gr
       :  ()
   (-) (-) 
        (
             
   )   :  () (-) (-)
   
       :  ()
   (-) (-) 
   I.2)   
     
   I.3) 
   
   I.4)       
             :
   
    II:   
   II.1)
   II.1.1)        :
             ...
   ,       
    .
   II.1.2)      ,   
   
   
    :  14:    
     
    NUTS GR111
   II.1.3)    ,   
      ()
       
   II.1.4)    
   II.1.5)      
             ...
   ,       
    .
   II.1.6)      (CPV)
   90911200
   II.1.7)       (GPA)
   II.1.8)
        : 
   II.1.9)    
       : 
   II.2)    
   II.2.1)   :
   1 .
       : 1 138 211,37 EUR
   II.2.2)    
    : 
   II.2.3)   
        : 
   II.3)     
     : 12 (    )
    III: , ,   
   
   III.1)    
   III.1.1) :
   )     2 %  
          

    )      5 %   
          (  
      157  .4281/2014).
   III.1.2)     /  
       :
                
     ,     (EUR),   
           
      .
           
      .
   )   .
   )     .
   )   &    ,   
     ,       
   .
    ,    ,     
          :
   1    ,  .
   &   (.3  . 3580/07 ( 134 /18-06-2007)
    . 24 3846/2010 ( 66 /11-05-2010)  . 77 .1 
   3918/2011 ( 31/02-03-2011): 2 %
   2         
    0,10 %         (. 4
   4013/2011,  204/' /15-09-2011)     
      3 % ( 20 %    ). 0,10 %
      . 55  . 2238/94 ( 151/16-09-1994)  
   2992/2002 ( 54/20-03-2002):      
    8 %  .
        (...)     
     .
   6.2.  :   (60) ,   
         .
   6.3           
         35  ... (.. 118/2007)
             
          .... (
       ..).
   6.4            
   ,  -  ,    
   .
   6.5     )     
           
            
   , )        
         ,   
     ,   )    
      35 . 7  .. 118/2007. , 
        ,   
      (    
   ,         
     ..
   III.1.3)         
        :
       :
   )  .
   ) .
   )  ,   .
   ) .
   )   /     
    .
           .
   III.1.4)  
          : 
   III.2) 
   III.2.1)    , 
            
            
     : 2.    . 4   8
    . 1599/1986 (75),   ,   
            ,
          ,  :
   )          
       (1)  .   . 2  6 
   .. 118/07, :
   )   ,      2
    1     98/773/   (EE L 351
    29.1.1998, . 1),
   ii) ,       3   
     26  1997 (EE C 195  25.6.1997, . 1)  
    3  1    98/742/   (EE
   L 358  31.12.1998, . 2),
   iii) ,      1     
          (EE C
   316  27.11.1995, . 48),
   iv)     ,   
    1   91/308/EOK  ,  10  1991,
           
        (EE L 166 
   28.6.1991, . 77 ,      
   2001/97/      , EE L 344 
   28.12.2001, . 76)      . 2331/1995 ( 173)
       . 3424/2005 ( 305),
   v)      ,  ,  ,
    ,  ,     
   .
   vi)       :
    30 . 7, 9, 11, 12  14.
    31 . 4, 5  6.
    32 . 4  5.
    35 . 5   ,     
     .
            
      .
          ,   
   :
   )  ,      ., .  ...
   )    ..    ,   
     ..
   )      ,    .
   )          
        .
   )        ,   
        ,    , 
       .
   3.    . 4   8  . 1599/1986 (75),
    ,       
        ,     
     ,  :
   .          (2)  .
     . 2   6  .. 118/07 , .:  
     , ,      
   .
              
             
         .
   .         . (2)  . 
    . 2   6  .. 118/07 , .   
       .. 2190/1920,   ,  
      (    ) ,
   ,        
           
   (    ).
   .      , ,    
       .
              
            
           
   .
   .       ,   
      (  ), 
           
    ,        
     .
   .     ,   
           
      ( ),  
         ,   
   ,          
      ,   ( 
   ).
        ,    
             
     ,    
   ,        
     ,     
     ,       
    ,    .
   .          
      '   ..60/2007   
         .
   .          
     ,    18, 34  39  .. 118/07
        .
   .        .99  .3588/2007
   (153).
   .     (  ).
   .        
     /     
     . 2  3   6  .. 118/07, 
   ,           20
      .
           ,   
         .
            
      .
   4.    ,     
           
   «»  « »  ( 22, . 2 
   .4144/2013).
   5.       . :
           , 
   :
        ..  ...   :
      /    
          ( 
        4.4.2011,     
       ...    
   ),       
            
          
           .
      /    
          ( 
        4.4.2011,     
       ...    
   ),          
             
     ( -  ...)    
              
           
        .
     (  ...)  
     ( ).
       (...)     
   4/4/2011,          
       ...    
   .
        ., ..   :
       ,   
      .
           
    ( ).
            4/4/2011,  
           
      ...     .
             
         ,     
         ,   
              
        ,     
              
     .
      ,  .
           
     .
           
   ,    ,     
           
   .
     ,       
          
        .pdf   (
         
   )       (3) 
       ,   .   
            .
             
   ,          
    ,       
             
           
   ,       
     .       
   .
   III.2.2)   
            
     :       
    . (2)  .   . 2   6  .. 118/07
   , .        .. 2190/1920,
     ,      ( 
     ) , ,     
           
      (    ).
   .      , ,    
       .
              
            
           
   .
   .       ,   
      (  ), 
           
    ,        
     .
   III.2.3) 
            
     :
       ,   
           
      ( ),  
         ,   
   ,          
      ,   ( 
   ).
        ,    
             
     ,    
   ,        
     ,     
     ,       
    ,    .
   III.2.4)     
   III.3)      
   III.3.1)     
          
   : 
   III.3.2)        
    IV: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.1.2)          
       
   IV.1.3)        
      
   IV.2) 
   IV.2.1) 
    
   IV.2.2)     
   IV.3) 
   IV.3.1)        
   :
   2/16
   IV.3.2)      
       
   .   : [8]2015/S 220-401352  13.11.2015
   IV.3.3)       
      
              
   : 11.2.2016 - 15:00
       : 
   IV.3.4)       
   11.2.2016 - 15:00
   IV.3.5)      
      
   IV.3.6)(-)  () (-)    
       
   .
   IV.3.7)      
    : 180 (      )
   IV.3.8)     
   : 12.2.2016
   :
   ... .
            :
   
           
    :  .
    VI:  
   VI.1)    
   VI.2)       
   VI.3) 
   VI.4) 
   VI.4.1)     
         
   
    
   681 00 
   
   : +30 2551353423
   : +30 2551353409
   VI.4.2) 
         ( )  
    :      
           15  .. 118/2007
     .3886/30-9-2010      
       .pdf     .
          
            
   ,  .
            
   .
         ,  , 
           
     .pdf    (3)   
      (   )    
     . 3943/2011 ( //66/31-3-11)    
   «  »  1163/3-7-13 (  1675//2013) 
      .
       /    
          , 
            
   .
   VI.4.3)        
   
         
   
    
   681 00 
   
   : +30 2551353423
   : +30 2551353409
   VI.5)    :
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Öffentlicher Verkehr (Straße) - FI-Tammela
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 10173-2016 (ID: 2016011309125847828)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  FI-Tammela: Öffentlicher Verkehr (Straße)
   2016/S 8/2016 10173
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Tammelan kunta
   Hakkapeliitantie 2
   Kontaktstelle(n): Sivistyspalvelut
   Zu Händen von: Mari Haapanen
   FI-31300 Tammela
   FINNLAND
   Telefon: +358 034120400
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.tammela.fi
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60112000
   Beschreibung
   Öffentlicher Verkehr (Straße).
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   12.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Finnisch.
References
   4. http://www.tammela.fi/
OT: 13/01/2016    S8    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely
   Suomi-Tammela: Joukkoliikennepalvelut maanteitse
   2016/S 008-010173
   Hankintailmoitus
   Palvelut
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Tammelan kunta
   Hakkapeliitantie 2
   Yhteyspiste(et): Sivistyspalvelut
   Vastaanottaja: Mari Haapanen
   FI-31300 Tammela
   SUOMI
   Puhelin: +358 034120400
   Internet-osoite (-osoitteet):
   Hankintaviranomaisen yleisosoite: [6]http://www.tammela.fi
   Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu
   yhteyspiste/yhteyspisteet
   Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös
   kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää
   koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet
   Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
   Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Julkisoikeudellinen laitos
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   Yleinen julkishallinto
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
   puolesta: ei
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   Tammelan kunnan palveluliikenne.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Palvelut
   Palvelujen pääluokka nro 2: Maakuljetuspalvelut [2], myös
   panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut, paitsi postinkuljetus
   Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tammelan kunta.
   NUTS-koodi FI184
   II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
   dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
   Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
   II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
   II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Tammelan kunnan alueella ajettava palveluliikenne on ostoliikennettä,
   jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa käytetty ajoneuvo
   valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten
   asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Reittiin voidaan tehdä poikkeamia
   asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös
   oppilaskuljetuksia sekä reittiliikenteenä ajettavia osuuksia.
   II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   60112000
   II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.1.8)Osat
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
   Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
   II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
   II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
   II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
   Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Kts. tarjouspyyntö.
   II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
   Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
   Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 1
   Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista
   tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
   kuukautta: 12 (sopimuksen tekemisestä)
   II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
   Alkamispäivä 1.8.2016. Päättymispäivä 31.7.2017
   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
   tiedot
   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
   Liikennöitsijä sitoutuu antamaan ostajalle sopimuksen täyttämiseksi
   pankkitakauksen tai muun ostajan hyväksymän vakuuden, joka on viisi (5)
   prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta.
   III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
   koskeviin määräyksiin:
   Kts. tarjouspyyntö.
   III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
   ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
   Kts. tarjouspyyntö.
   III.1.4)Muut erityisehdot
   Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
   ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Kts. tarjouspyyntö.
   III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Kts. tarjouspyyntö.
   Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Kts.
   tarjouspyyntö.
   III.2.3)Tekninen suorituskyky
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä:
   Kts. tarjouspyyntö.
   III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
   Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
   III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
   Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien
   henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
   lukumäärää koskevat rajoitukset
   IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä,
   tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Ennakkotietoilmoitus
   Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [7]2015/S 220-401177 , 13.11.2015
   IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
   saantia koskevat ehdot
   Asiakirjat ovat maksullisia: ei
   IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
   12.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
   valituille ehdokkaille
   IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
   osallistumispyynnöt voidaan laatia
   suomi.
   IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
   asti: 30.6.2016
   IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
   Päivämäärä: 12.2.2016 - 12:00
   Paikka: Tammelan kunta
   Hakkapeliitantie 2
   FI-31300 Tammela
   SUOMI
   Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
   kyllä
   Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
   VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.3)Lisätiedot
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   FI-00520 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [8]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [9]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.4.2)Muutoksenhaku
   VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung - DE-Bonn
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
Dokument Nr...: 10273-2016 (ID: 2016011309134647920)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  DE-Bonn: Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
   2016/S 8/2016 10273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
   Deichmanns Aue 29
   53179 Bonn
   DEUTSCHLAND
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.ble.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
   einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Sonstige: Landwirtschaft und Ernährung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Untersuchung auf das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und verwandten
   Verbindungen in Lebensmitteln.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 8: Forschung und Entwicklung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Bonn.
   NUTS-Code DEA22
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Auftragsgegenstand ist die Durchführung einer wissenschaftlichen Studie
   zum Thema Untersuchung auf das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und
   verwandten Verbindungen in Lebensmitteln.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   73300000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Wissenschaftliche Qualität der angebotenen Leistung. Gewichtung 50
   2. Preis (ohne USt.). Gewichtung 30
   3. Angemessenheit von Personal- und Mitteleinsatz. Gewichtung 20
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   123-02.05-20.0147/15-I-D
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 182-330403 vom 19.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 123-02.05-20.0147/15-I-D Bezeichnung: Untersuchung auf
   das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und verwandten Verbindungen in
   Lebensmitteln
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   28.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SGS Germany GmbH
   Rödingsmarkt 16
   20459 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes im Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   53123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die
   Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit i. S. v. § 101b Abs. 1 GWB
   endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Auftragsvergabe im
   Amtsblatt der Europäischen Union.
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
References
   6. http://www.ble.de/
   7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330403-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur- und Wartungsdienste - FR-Nantes
Reparatur- und Wartungsdienste
Dokument Nr...: 10373-2016 (ID: 2016011309144748028)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  FR-Nantes: Reparatur- und Wartungsdienste
   2016/S 8/2016 10373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Nantes Métropole
   Direction générale des ressources humaines, 2 cours du Champ de Mars
   Zu Händen von: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 1
   FRANKREICH
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50000000
   Beschreibung
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2016-20900
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Association ATAO Pilote de missions d'insertion
   7 Bis rue Jacques Cartier
   44300 Nantes
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 210 EUR
   ohne MwSt
References
   4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
OT: 13/01/2016    S8    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Nantes: Services de réparation et d'entretien
   2016/S 008-010373
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Nantes Métropole
   Direction générale des ressources humaines, 2 cours du Champ de Mars
   À l'attention de: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 1
   FRANCE
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   Environnement
   Affaires économiques et financières
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   Ville de Nantes
   2 rue de l'Hôtel de Ville
   44000 Nantes
   FRANCE
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Prestations de services et de qualifications professionnelles:
   entretien (contrôles et réglages) des vélos personnels des agents
   signataires de la Charte vélo. Groupements de commandes Nantes
   Métropole Ville de Nantes.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Nantes.
   Code NUTS FR511
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché a pour objet des prestations de service d'insertion
   et de qualifications professionnelles
   activité support: mise en place de bons pour un entretien (contrôle et
   réglage) des vélos personnel des
   agents signataires de la charte vélo à l'atelier du titulaire ou sur
   les sites d'embauche des agents et si
   possible ainsi qu' une prestation de marquage du vélo personnel de
   l'agent par un numéro de série
   infalsifiable.
   Le présent marché a pour objet l'insertion sociale et professionnelle
   de personnes durablement exclues du
   marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d'accès ou de
   maintien dans l'emploi, de permettre à des
   personnes bénéficiaires d'être accompagnées pour retrouver un
   comportement au travail, acquérir des
   savoir-faire et des savoir-être indispensables à la mise en uvre d'un
   parcours d'insertion cohérent vers
   l'emploi pérenne.
   Nantes Métropole et la Ville de Nantes confieront au titulaire des
   prestations d'appui et d'accompagnement à
   l'emploi dans le cadre d'activités d'utilité sociale axées sur une
   prestation relative au réglage et à l'entretien
   des vélos personnels. Le titulaire devra fournir une prestation
   d'entretien des vélos des agents via un bon
   pour un contrôle technique annuel ainsi que le marquage du vélo
   personnel de l'agent.
   Le ou les candidats s'engage(nt) à accueillir des salariés conformément
   aux postes conventionnés par le
   comité Départemental d'insertion par l'activité Économique.
   Ce marché prend la forme d'un marché à bon de commande.
   En aucun cas, le montant du présent marché ne peut dépasser 50 000 EUR
   HT.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   50000000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Pertinence de la démarche d'insertion. Pondération 50
   2. Qualité et pertinence des moyens que le candidat propose de mettre à
   disposition pour la réalisation des travaux supports à l'insertion.
   Pondération 20
   3. Prix. Pondération 30
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15DRH001
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2016-20900 Intitulé: Entretien (contrôles et réglages) des
   vélos personnels des agents signataires de la Charte vélo
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Association ATAO Pilote de missions d'insertion
   7 Bis rue Jacques Cartier
   44300 Nantes
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 4 210 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Modalités de consultation du marché auprès de:
   Nantes Métropole
   Service des marchés publics
   11 avenue Carnot
   44923 Nantes Cedex 9
   Tel: 02.40.99.62.46
   Fax: 02.40.99.62.40
   Ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
   44041 Nantes Cedex 1
   E-mail: [7]greffe.ta.nantes@juradm.fr
   Téléphone: +33 240994600
   Adresse internet: [8]http://nantes.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 240994658
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
   44041 Nantes Cedex 1
   E-mail: [9]greffe.ta.nantes@juradm.fr
   Téléphone: +33 240994600
   Adresse internet: [10]http://nantes.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 240994658
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Urheberrechtsberatung - UK-Preston
Urheberrechtsberatung
Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste
Juristische Beratung und Vertretung
Rechtsberatung und -auskunft
Dokument Nr...: 10473-2016 (ID: 2016011309153448129)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  UK-Preston: Urheberrechtsberatung
   2016/S 8/2016 10473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   University of Central Lancashire
   Purchasing Office, Sizer House
   Kontaktstelle(n): etedners@uclan.ac.uk
   PR1 2HE Preston
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1772892225
   Fax: +44 1772892954
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79121000, 79130000, 79110000, 79140000
   Beschreibung
   Urheberrechtsberatung.
   Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste.
   Juristische Beratung und Vertretung.
   Rechtsberatung und -auskunft.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: ITP15-19
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   HGF Ltd
   Belgrave street
   LS2 8DD Leeds
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 300 000 GBP
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 3
References
   4. https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
OT: 13/01/2016    S8    - - Services - Contract award notice - Open
   procedure
   United Kingdom-Preston: Copyright consultancy services
   2016/S 008-010473
   Contract award notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   University of Central Lancashire
   Purchasing Office, Sizer House
   Contact point(s): etedners@uclan.ac.uk
   PR1 2HE Preston
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1772892225
   Fax: +44 1772892954
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [6]https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
   I.2)Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their
   regional or local sub-divisions
   I.3)Main activity
   Education
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   The provision of Intellectual property and copyright services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 21: Legal services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   University of Central Lancashire.
   NUTS code
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   The University of Central Lancashire wishes to invite tenders to supply
   Intellectual property and copyright services to its Innovation and
   Enterprise department. UCLan has been delivering a change program in
   regards to the identification, protection and exploitation of its
   Intellectual Property since mid-2012, which is supported by an
   extensive University wide program of on and off line training.
   This activity has seen a significant increase in the number of IP
   disclosures and subsequent patent filings across a number of areas,
   including: Biomedical Sciences, Electrical and Electronic Engineering,
   Mechanical Engineering, Forensic Sciences, Nuclear Sciences, Materials
   and Nano-Materials Technologies, Tribology Technologies, Pharmacy and
   3D Printing Technologies. The University will be seeking to award a
   single contractor for a duration of a 3 year period.
   This is an Open EU procurement procedure, the ITT and full
   specification and supporting documents can be downloaded by registering
   and expressing your interest on the University's e-tendering system
   [7]https://intendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
   If you have any questions or comments in relation to this tender they
   must be submitted via the In-tend portal. Completed tenders must be
   returned through the same e-tendering system. The closing date for
   return of the tender is 2.10.2015 at 12 noon (UK time).
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   79121000, 79130000, 79110000, 79140000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Weighting 60
   2. Technical. Weighting 40
   3. Price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   ITP15-19
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   Section V: Award of contract
   Contract No: ITP15-19 Lot title: The provision of Intellectual property
   and copyright services.
   V.1)Date of contract award decision:
   21.12.2015
   V.2)Information about offers
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   HGF Ltd
   Belgrave street
   LS2 8DD Leeds
   UNITED KINGDOM
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 300 000 GBP
   Excluding VAT
   If annual or monthly value:
   Number of years: 3
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen - FR-Paris
Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
Dokument Nr...: 10573-2016 (ID: 2016011309165348238)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  FR-Paris: Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
   2016/S 8/2016 10573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Eau de Paris
   Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373
   Zu Händen von: Mme la directrice générale
   75214 Paris Cedex 13
   FRANKREICH
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [4]http://www.eaudeparis.fr/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45252126
   Beschreibung
   Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 15S0005
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Mandataire du groupement conjoint constitué entreprise Pinto /
   Degremont services SASU
   48 rue Jules Verne, BP 90114
   35301 Fougères Cedex
   FRANKREICH
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 8 500 000 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. http://www.eaudeparis.fr/
OT: 13/01/2016    S8    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure négociée
   France-Paris: Travaux de construction de stations de traitement de
   l'eau potable
   2016/S 008-010573
   Avis d'attribution de marché  secteurs spéciaux
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Eau de Paris
   Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373
   À l'attention de: Mme la directrice générale
   75214 Paris Cedex 13
   FRANCE
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale de lentité adjudicatrice:
   [6]http://www.eaudeparis.fr/
   I.2)Activité principale
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Opération de reconstruction du décanteur de l'usine d'eau potable de
   Joinville-le-Pont (94)  marché pour la construction du nouveau
   décanteur.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS FR101
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Opération de reconstruction d'un décanteur de lu'isnde d'eau potable de
   Joinville-le-Pont (94)  marché pour la construction du nouveau
   décanteur
   Les prestations à réaliser s'inscrivent dans le cadre du projet
   d'amélioration de la clarification de l'usine de production d'eau
   potable de Joinville-le-Pont (94) et ayant pour objectif de garantir
   une production d'eau traitée de 300 000 m³/j quelle que soit la qualité
   d'eau de la Marne.
   Pour atteindre cet objectif, les modifications et compléments à
   apporter à la filière de traitement suivants ont été identifiés:
   Projet 1: Optimisation de l'atelier de flottation pour une production
   d'eau flottée de 160 000 m³/j
   Projet 2: Construction d'un nouveau décanteur en lieu et place du
   décanteur existant pour une production d'eau décantée de 200 000 m³/j
   Projet 3: Consolidation de l'atelier de traitement des boues afin
   d'ajuster la capacité de traitement des boues aux nouveaux ateliers
   La présente consultation concerne le projet 2. Celui-ci étant décomposé
   en plusieurs marchés (réactifs, électricité / automatisme, station de
   pompage...), la présente consultation concerne le marché relatif à la
   réalisation du nouveau décanteur.
   Base: la technologie de décantation prévue est un décanteur lamellaire
   à recirculation de boues.
   Les variantes sont acceptées mais limitées:
   à la technologie de décantation et au génie civil associé,
   au système de fondation de l'ouvrage.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45252126
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   15S0005
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis périodique indicatif
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 012-017951 du 17.1.2015
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 012-017951 du 17.1.2015
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Marché nº: 15S0005
   Intitulé: Reconstruction du décanteur de l'usine d'eau potable de
   Joinville-le-Pont (94)  marché pour la construction du nouveau
   décanteur
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   4.1.2016
   V.1.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 5
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Mandataire du groupement conjoint constitué entreprise Pinto /
   Degremont services SASU
   48 rue Jules Verne, BP 90114
   35301 Fougères Cedex
   FRANCE
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 8 500 000 EUR
   Hors TVA
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial paru au BOAMP
   Parution no: 11 A, annonce n° 124 du 16.1.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Adresse internet: [10]http://paris.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 144594646
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [11]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Adresse internet: [12]http://paris.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 144594646
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - CZ-Prag
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dienstleistungen im Eisenbahnbau
Dokument Nr...: 10673-2016 (ID: 2016011309180348324)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  CZ-Prag: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
   2016/S 8/2016 10673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Správa elezniní dopravní cesty, státní organizace
   70994234
   Dládná 1003/7
   Kontaktstelle(n): Stavební správa východ
   Zu Händen von: Ing. Jaromír Souek
   110 00 Praha
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 724932283
   E-Mail: [4]SoucekJ@szdc.cz
   Fax: +420 585754276
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.szdc.cz/index.html
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71322000, 71311230
   Beschreibung
   Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau.
   Dienstleistungen im Eisenbahnbau.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 15 825 000 CZK
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sudop Brno, spol. s r.o.
   Kounicova 26
   611 36 Brno
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 972625804
   E-Mail: [7]sudop@sudop-brno.cz
   Fax: +420 541211310
   Internet-Adresse: [8]http://www.sudop-brno.cz/index.php
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 000 000 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 15 825 000 CZK
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:SoucekJ@szdc.cz?subject=TED
   5. http://www.szdc.cz/index.html
   6. https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
   7. mailto:sudop@sudop-brno.cz?subject=TED
   8. http://www.sudop-brno.cz/index.php
OT: 13/01/2016    S8    - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
   ízení
   eská republika-Praha: Technické projekty pro provádní stavebn
   inenýrských prací
   2016/S 008-010673
   Oznámení o zadání zakázky  veejné sluby
   Smrnice 2004/17/ES
   Oddíl I: Zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Správa elezniní dopravní cesty, státní organizace
   70994234
   Dládná 1003/7
   Kontaktní místo: Stavební správa východ
   K rukám: Ing. Jaromír Souek
   110 00 Praha
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 724932283
   E-mail: [6]SoucekJ@szdc.cz
   Fax: +420 585754276
   Internetové adresy:
   Obecná adresa zadavatele: [7]http://www.szdc.cz/index.html
   Adresa profilu kupujícího:
   [8]https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
   I.2)Hlavní pedmt innosti
   elezniní sluby
   I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatel
   Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce
   Rekonstrukce traového úseku Vlkov u Tinova  Kianov (mimo).
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Sluby
   Kategorie slueb . 12: Sluby architekt; inenýrské sluby,
   integrované inenýrské sluby; územní plánování; související
   vdeckotechnické poradenství; technické testování a provádní analýz
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
   Olomoucký kraj.
   Kód NUTS CZ071
   II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
   (DNS)
   II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Cílem stavby je odstranní nevyhovujícího stavu elezniního svrku a
   spodku, zvýení bezpenosti provozu, zajitní spolehlivého provozu a
   celkové zvýení kvality elezniní dopravní cesty. Tato investice je
   vyvolána celkovým stáím elezniního svrku, nevyhovujícím stavem el.
   spodku bez ádného odvodnní, vysokým provozním zatíením a nutností
   minimalizovat provozní výluky na údrbu a opravy celostátní dráhy.
   Souasn rekonstrukcí dojde ke splnní poadavk interoperability,
   zajitní potebných parametr pro provoz dopravy, zvýení traové
   rychlosti, zajitní bezbariérového pístupu a splnní poadavk platné
   legislativy. Dvodem pro tuto rekonstrukci je patný technický stav
   koleje. Jednotlivé souásti elezniního svrku a spodku vykazují
   vysokou míru opotebovanosti a zachování normového stavu pedstavuje
   zvýené nároky na údrbu.
   Místem stavby je dvoukolejná elektrifikovaná tra . 250 Brno 
   Havlíkv Brod, od st. Vlkov u Tinova po st. Kianov (st. Kianov
   není pedmtem stavby). Daný úsek trati se nachází v kraji Vysoina,
   kat. území Vlkov u Osové Bítýky, Osová, Osová Bítýka, Oechov u
   Kianova, Kianov, Sviny u Kianova, Kozlov u Kianova, TUDU 2031G1
   Vlkov u Tinova ZV 1  ZV 20 (km 48,5  49,4) a 203114 Vlkov u Tinova
    ZV 20  Kianov KV3 km (km 49,4  61,1), staniení kolejových úprav
   cca od km 48,5  do km 61,1.
   Pedmtem zakázky je zpracování pípravné dokumentace stavby vetn
   zámru projektu, ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace,
   geotechnického a hydrotechnického przkumu (vetn vyhodnocení kvality
   vod v pedmtném úseku el. trati). Pedmtem zakázky je i podání
   ádosti o vydání územního rozhodnutí, vetn zajitní dodatených
   poadavk stavebního úadu a dodání oznámení o zahájení ízení
   písluného stavebního úadu. Správní poplatek za správní ízení hradí
   zadavatel  SDC, s.o.
   Zpracovatel zajistí vyjádení písluného krajského úadu, zda zámr
   podléhá procesu posouzení vlivu na ivotní prostedí (EIA) ve smyslu
   zákona . 100/2001 Sb., v platném znní. Pokud se krajský úad ve svém
   stanovisku vyjádí, e uvedený zámr podléhá procesu EIA, zajistí
   zpracovatel vypracování Oznámení zámru dle pílohy . 3 uvedeného
   zákona a jeho projednání s doteným orgánem.
   Pedmtem zpracování konceptu technického eení bude provení eení
   rekonstrukce stávajícího stavu a dále úprav dle bodu 5.1.1. ZTP.
   II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   71322000, 71311230
   II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
   II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   Hodnota: 15 825 000 CZK
   Bez DPH
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   Nejnií nabídková cena
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Bude pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené zadavatelem:
   6174164
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   Oznámení o zakázce
   íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 189-343576 ze dne 30.9.2015
   Oddíl V: Zadání zakázky
   V.1)Zadání a hodnota zakázky
   Název: Rekonstrukce traového úseku Vlkov u Tinova  Kianov (mimo)
   V.1.1)Datum zadání zakázky:
   14.12.2015
   V.1.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 4
   V.1.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   Sudop Brno, spol. s r.o.
   Kounicova 26
   611 36 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 972625804
   E-mail: [10]sudop@sudop-brno.cz
   Fax: +420 541211310
   Internetová adresa: [11]http://www.sudop-brno.cz/index.php
   V.1.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 17 000 000 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 15 825 000 CZK
   Bez DPH
   V.1.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
   uvete hodnotu nebo pomrnou ást zakázky, která bude pravdpodobn
   provedena subdodavatelsky tetími stranami:
   Pomrná ást: 26,0 %
   Struný popis hodnoty/pomrné ásti zakázky, která bude provedena
   subdodavatelsky: Geotechnický przkum pracového podloí (15,96 %),
   geotechnický przkum mostních objekt (5,53 %), technic. poradenství,
   reklamní a grafická innost, poplatky (4,5 %).
   V.1.6)Cena zaplacená za zvýhodnné nákupy
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   Jedná se o nadlimitní veejnou zakázku zadanou v souvislosti s výkonem
   relevantní innosti sektorového zadavatele. Zakázka byla zadána v
   oteveném ízení dle zákona . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve
   znní pozdjích pedpis.
   VI.3)Odvolací ízení
   VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [12]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.3.2)Podání odvolání
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [14]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [15]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - MK-Bitola
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Dieselkraftstoff
Dokument Nr...: 1073-2016 (ID: 2016010209352038357)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  MK-Bitola: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
   2016/S 1/2016 1073
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   KJP Niskogradba Bitola
   Bulevar 1vi Maj bb
   7000 Bitola
   EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
   Telefon: +389 47233600
   E-Mail: [4]niskogradbabt@yahoo.com
   Fax: +389 47224520
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.niskogradba.com
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09000000, 09134200
   Beschreibung
   Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
   Energiequellen.
   Dieselkraftstoff.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   21.1.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:niskogradbabt@yahoo.com?subject=TED
   5. http://www.niskogradba.com/
OT: 02/01/2016    S1    - - Supplies - Contract notice - Open procedure
   Former Yugoslav Republic of Macedonia-Bitola: Petroleum products, fuel,
   electricity and other sources of energy
   2016/S 001-001073
   Contract notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   KJP Niskogradba Bitola
   Bulevar 1vi Maj bb
   7000 Bitola
   FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
   Telephone: +389 47233600
   E-mail: [6]niskogradbabt@yahoo.com
   Fax: +389 47224520
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.niskogradba.com
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Fuel.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   NUTS code
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Given in tender documentation.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   09000000, 09134200
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: yes
   Tenders may be submitted for all lots
   II.1.9)Information about variants
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   II.2.2)Information about options
   II.2.3)Information about renewals
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Information about lots
   Lot No: 1 Lot title: Fuel for vehicles
   1)Short description
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   09000000, 09134200
   3)Quantity or scope
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   Lot No: 2 Lot title: Extra light heating oil 1 (EL-1)
   1)Short description
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   09000000, 09134200
   3)Quantity or scope
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   Lowest price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: yes
   Additional information about electronic auction: Given in tender
   documentation.
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   21.1.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   VI.2)Information about European Union funds
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - CH-Zürich
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 10773-2016 (ID: 2016011309194848416)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  CH-Zürich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
   2016/S 8/2016 10773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien
   Kreuzplatz 5, KPL
   Zu Händen von: Ralf Ditt
   8092 Zürich
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]ditt-ralf@ethz.ch
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.immobilien.ethz.ch
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   ETH Zürich, Gebäude CLA, Gebäudeautomation  Ersatz,
   Submission für GA-Planerleistungen zum Ersatz einer
   Gebäudeautomation-Anlage.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
   Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
   Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
   Beratung, technische Versuche und Analysen
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71000000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 144-267060 vom 29.7.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   7.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   IBG B. Graf AG, Engineering
   Hintermühlenstraße 4
   8409 Winterthur
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 151 570,60 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Begründung des Zuschlagsentscheides: Ausschlaggebend war die beste
   Bewertung in den Kriterien Qualität und Referenzen der
   Schlüsselpersonen und des Unternehmens. Insgesamt stellt es das
   wirtschaftlich günstigste Angebot dar.
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
   innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
   Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
   Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
   Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
   beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
   Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
   beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 897027.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
References
   6. mailto:ditt-ralf@ethz.ch?subject=TED
   7. http://www.immobilien.ethz.ch/
   8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267060-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über
   vergebene Aufträge - Offenes Verfahren
   die Schweiz-Zürich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions-
   und Ingenieurbüros und Prüfstellen
   2016/S 008-010773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien
   Kreuzplatz 5, KPL
   Zu Händen von: Ralf Ditt
   8092 Zürich
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]ditt-ralf@ethz.ch
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.immobilien.ethz.ch
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   ETH Zürich, Gebäude CLA, Gebäudeautomation  Ersatz,
   Submission für GA-Planerleistungen zum Ersatz einer
   Gebäudeautomation-Anlage.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
   Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
   Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
   Beratung, technische Versuche und Analysen
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71000000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 144-267060 vom 29.7.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   7.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   IBG B. Graf AG, Engineering
   Hintermühlenstraße 4
   8409 Winterthur
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 151 570,60 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Begründung des Zuschlagsentscheides: Ausschlaggebend war die beste
   Bewertung in den Kriterien Qualität und Referenzen der
   Schlüsselpersonen und des Unternehmens. Insgesamt stellt es das
   wirtschaftlich günstigste Angebot dar.
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
   innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
   Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
   Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
   Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
   beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
   Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
   beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 897027.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Schwimmbäder - DE-Friedrichshafen
Bauarbeiten für Schwimmbäder
Aufzüge
Dokument Nr...: 10873-2016 (ID: 2016011409013648587)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  DE-Friedrichshafen: Bauarbeiten für Schwimmbäder
   2016/S 9/2016 10873
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Friedrichshafen/Technische Werke GmbH Friedrichshafen  vertreten
   durch Herrn EBM Dr.-Ing. Stefan Köhler, dieser vertreten durch das
   Stadtbauamt
   Charlottenstraße 12
   Kontaktstelle(n): Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt, Abteilung Hochbau
   Zu Händen von: Frau Frischknecht
   88045 Friedrichshafen
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 7541/ 203-4103
   E-Mail: [6]r.frischknecht@friedrichshafen.de
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.friedrichshafen.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Neubau Sportbad und Neubau Parkhaus  069.01 Aufzug.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Meistershofener Straße - neben ZF-Arena, 88048 Friedrichshafen.
   NUTS-Code DE147
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   4 St. Aufzüge, 1 St. Hubbühne.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45212212, 42416100
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Die Stadt FN plant den Neubau eines Sportbades und die Technischen
   Werke FN planen den Neubau eines Parkhauses, jeweils im Gebiet
   Sportpark.
   Das Bad beinhaltet mehrere Schwimbecken, eine Wasserrutsche, einen
   Saunabereich und eine Gastronomie.
   Das Bauvolumen umfasst ca. 11 600 m^2 BGF und ca. 65 000 m^3 BRI.
   Das Parkhaus beinhaltet ca. 420 Parkplätze auf 11 Teilebenen, ober- und
   unterirdisch.
   Das Bauvolumen des Parkhauses umfasst ca. 14 000 m^2 BGF und ca. 48 500
   m^3 BRI.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend im einem bevollmächtigten Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Siehe Vergabeunterlagen
   (KEV-Formulare).
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Vergabeunterlagen
   (KEV-Formulare).
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   250/069.01 Aufzug
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 228-414353 vom 25.11.2015
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 18.2.2016 - 11:30
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 30 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Per Scheck,
   25 EUR + 5 EUR Versandgebühr.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   18.2.2016 - 11:30
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 31.5.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 18.2.2016 - 11:30
   Ort:
   Zimmer 1.50, Charlottenstraße 12, 88045 Friedrichshafen.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: An der
   Eröffnung können Bieter und/ oder ihre Bevollmächtigten Vertreter
   teilnehmen.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße, Vergabekammer
   Baden-Württemberg,
   Regierungspräsidium Karlsruhe, 76247 Karlsruhe, Telefon: +49
   721/926-4049.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   12.1.2016
References
   6. mailto:r.frischknecht@friedrichshafen.de?subject=TED
   7. http://www.friedrichshafen.de/
   8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414353-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Grabenaushub - FR-Agen
Grabenaushub
Bau von Gasversorgungsleitungen
Installation von Elektroanlagen
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Dokument Nr...: 10973-2016 (ID: 2016011409023048691)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  FR-Agen: Grabenaushub
   2016/S 9/2016 10973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Agglomération d'Agen
   8 rue André Chénier  CS 10190
   Zu Händen von: M. le président
   47916 Agen
   FRANKREICH
   Telefon: +33 553695349
   E-Mail: [4]karine.maziere@agen.fr
   Fax: +33 553685479
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://caa.e-marchespublics.com
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://caa.e-marchespublics.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45112100, 45231221, 45311000, 09331200, 45112710
   Beschreibung
   Grabenaushub.
   Bau von Gasversorgungsleitungen.
   Installation von Elektroanlagen.
   Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen.
   Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 000 718,44 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   groupement SAS Spie Sud-Ouest et Éléctromontage SAS
   41 rue Denis Papin, ZI Jean Malèze
   47240 Bon Encontre
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 494 407,10 EUR
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   groupement Courserant / SAS Neptune Arrosage
   route de Bordeaux
   47300 Bias
   E-Mail: [7]sa.courserant@gmail.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 506 311,34 EUR
References
   4. mailto:karine.maziere@agen.fr?subject=TED
   5. http://caa.e-marchespublics.com/
   6. http://caa.e-marchespublics.com/
   7. mailto:sa.courserant@gmail.com?subject=TED
OT: 14/01/2016    S9    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Agen: Travaux de creusement de tranchées
   2016/S 009-010973
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Agglomération d'Agen
   8 rue André Chénier  CS 10190
   À l'attention de: M. le président
   47916 Agen
   FRANCE
   Téléphone: +33 553695349
   E-mail: [6]karine.maziere@agen.fr
   Fax: +33 553685479
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://caa.e-marchespublics.com
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://caa.e-marchespublics.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: EPCI
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   5eaf03  Relance des lots 3 (réseaux secs) et 4 (espaces verts 
   arrosage) déclarés sans suite du marché 15de01  travaux d'aménagement
   infrastructure ZAC Technopole.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Technopole Agen-Garonne, 47310 Sainte
   Colombe-en-Brulhois-et-Brax.
   Code NUTS FR614
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Relance des lots 3 (réseaux secs) et 4 (espaces verts  arrosage)
   déclarés sans suite du marché 15de01  travaux d'aménagement
   infrastructure ZAC Technopole Agen-Garonne.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45112100, 45231221, 45311000, 09331200, 45112710
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 4 000 718,44 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   5EAF03
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 124-226630 du 1.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 3: Réseaux secs
   V.1)Date d'attribution du marché:
   23.9.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 7
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   groupement SAS Spie Sud-Ouest et Éléctromontage SAS
   41 rue Denis Papin, ZI Jean Malèze
   47240 Bon Encontre
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 1 494 407,10 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: Espaces verts et arrosage
   V.1)Date d'attribution du marché:
   23.9.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   groupement Courserant / SAS Neptune Arrosage
   route de Bordeaux
   47300 Bias
   E-mail: [10]sa.courserant@gmail.com
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 2 506 311,34 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
   5EAF03
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-109927, mise en ligne le 16.7.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet, CS 21490
   33063 Bordeaux Cedex
   E-mail: [11]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   Organe chargé des procédures de médiation
   sgar-cciral
   4 bis esplanade charles de gaulle
   33077 Bordeaux Cedex
   Téléphone: +33 556906530
   Fax: +33 556906500
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet, CS 21490
   33063 Bordeaux
   E-mail: [12]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung - FR-Cran-Gevrier
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
Dokument Nr...: 11073-2016 (ID: 2016011409033748805)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  FR-Cran-Gevrier: Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
   2016/S 9/2016 11073
   Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   SILA
   7 rue des Terrasses
   74960 Cran-Gevrier
   FRANKREICH
   Telefon: +33 450667777
   E-Mail: [5]isabelle.simon@sila.fr
   Fax: +33 450667800
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.sila.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90400000
   Beschreibung
   Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015-067
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Bouygues Énergies et Services
   49 avenue du Lac du Bourget, BP 80289
   73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
References
   5. mailto:isabelle.simon@sila.fr?subject=TED
   6. http://www.sila.fr/
OT: 14/01/2016    S9    - - Marché de travaux - Avis en cas de transparence
   ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable
   France-Cran-Gevrier: Services des eaux usées
   2016/S 009-011073
   Avis en cas de transparence ex ante volontaire
   Le présent avis est couvert par: la directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   SILA
   7 rue des Terrasses
   74960 Cran-Gevrier
   FRANCE
   Téléphone: +33 450667777
   E-mail: [6]isabelle.simon@sila.fr
   Fax: +33 450667800
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice:
   [7]http://www.sila.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Autre: Traitement des déchets  eaux usées
   1.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs/entités adjudicatrices
   Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte
   d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Amélioration des programmes automates de l'UDEP Siloé à Cran-Gevrier
   (tranche 1).
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La réalisation de modifications d'automatisme et câblages électriques
   sur les processus de traitement des eaux, traitement des boues et
   traitement de l'air de l'usine Siloé.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   90400000
   II.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 58 598 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
   au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
   section 2 de lannexe D1, D2 ou D3, selon le cas)
   Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   Autre justification de lattribution du marché sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE
   Le marché a pour objet des services figurant à lannexe II B de la
   directive
   Il s'agit d'un marché de travaux dont le montant estimatif est
   inférieur aux seuils européen et conclu selon une procédure adaptée.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur/l'entité adjudicatrice
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015-067
   V.1)Date d'attribution du marché:
   24.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues:2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Bouygues Énergies et Services
   49 avenue du Lac du Bourget, BP 80289
   73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 59 000 EUR
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 58 598 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui Indiquer en valeur ou
   en pourcentage la part du marché susceptible dêtre sous-traitée
   Inconnue
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Messeeinrichtungen - ES-Madrid
Messeeinrichtungen
Museumsausstellungen
Dokument Nr...: 11173-2016 (ID: 2016011409044348901)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  ES-Madrid: Messeeinrichtungen
   2016/S 9/2016 11173
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ayuntamiento de Madrid  Área de Gobierno de Cultura y Deportes
   calle Montalbán, nº 1, 2ª planta
   Kontaktstelle(n): Servicio de Contratación del Área de Gobierno de
   Cultura y Deportes
   28014 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 915880021
   E-Mail: [4]contratacioncultura@madrid.es
   Fax: +34 915881172
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.madrid.es
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Perfil de contratante
   www.madrid.es
   Madrid
   SPANIEN
   Internet-Adresse: [6]www.madrid.es
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Registro del Área de
   Gobierno de Cultura y Deportes
   calle Montalbán, nº 1, planta baja
   Kontaktstelle(n): Lugar entrega muestras: Departamento de Exposiciones,
   calle Conde Duque, 9 y 11, de 9:00 a 14:00 horas, previa a la
   presentación de proposiciones en Registro
   28014 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 915881276/+34 914800516
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   39154000, 92521100
   Beschreibung
   Messeeinrichtungen.
   Museumsausstellungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 12.2.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Spanisch.
References
   4. mailto:contratacioncultura@madrid.es?subject=TED
   5. http://www.madrid.es/
   6. http://www.madrid.es/
OT: 14/01/2016    S9    - - Suministros - Anuncio de licitación -
   Procedimiento abierto
   España-Madrid: Equipamiento de exposición
   2016/S 009-011173
   Anuncio de licitación
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Ayuntamiento de Madrid  Área de Gobierno de Cultura y Deportes
   calle Montalbán, nº 1, 2ª planta
   Punto(s) de contacto: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de
   Cultura y Deportes
   28014 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 915880021
   Correo electrónico: [6]contratacioncultura@madrid.es
   Fax: +34 915881172
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]www.madrid.es
   Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
   arriba
   El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
   los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
   dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Perfil de contratante
   www.madrid.es
   Madrid
   ESPAÑA
   Dirección Internet: [8]www.madrid.es
   Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Registro
   del Área de Gobierno de Cultura y Deportes
   calle Montalbán, nº 1, planta baja
   Punto(s) de contacto: Lugar entrega muestras: Departamento de
   Exposiciones, calle Conde Duque, 9 y 11, de 9:00 a 14:00 horas, previa
   a la presentación de proposiciones en Registro
   28014 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 915881276/+34 914800516
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Entidad regional o local
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Servicios generales de las administraciones públicas
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
   Suministro de fabricación y montaje de la exposición permanente del
   Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: Plaza de San Andrés, 2, 28005 Madrid.
   Código NUTS ES300
   II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
   sistema dinámico de adquisición
   El anuncio se refiere a un contrato público
   II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
   II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Suministro de fabricación y montaje de la exposición permanente del
   Museo de San Isidro.
   II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   39154000, 92521100
   II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
   II.1.8)Lotes
   El contrato está dividido en lotes: no
   II.1.9)Información sobre las variantes
   Se aceptarán variantes: no
   II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
   II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
   Valor estimado IVA excluido: 569 353,96 EUR
   II.2.2)Información sobre las opciones
   Opciones: no
   II.2.3)Información sobre las renovaciones
   Este contrato podrá ser renovado: no
   II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
   Duración en meses: 6 (a partir de la adjudicación del contrato)
   Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
   técnico
   III.1)Condiciones relativas al contrato
   III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
   Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato
   (IVA excluido).
   III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
   referencia a las disposiciones que las regulan:
   Certificaciones mensuales en las que se especifiquen los trabajos
   realmente ejecutados, mediante la aplicación de los correspondientes
   precios a las unidades ejecutadas de cada elemento. Los importes de las
   partidas que figuran en el proyecto son de abono completo por resultar
   imposible su descomposición. Los precios de las unidades son los
   correspondientes al proyecto aprobado y su resultado deberá ser
   minorado por la baja de adjudicación ofertada.
   III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
   económicos adjudicataria del contrato:
   Unión Temporal de Empresarios.
   III.1.4)Otras condiciones particulares
   La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
   III.2)Condiciones de participación
   III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
   exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
   mercantil
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos: Capacidad de obrar: Escrituras sociales inscritas en el
   Registro Mercantil, CIF de la empresa, DNI del firmante de la oferta.
   Declaración de no estar incurso en prohibición o incompatibilidad para
   contratar. Poderes
   bastanteados por la Dirección General de la Asesoría Jurídica del
   Ayuntamiento de Madrid.
   III.2.2)Capacidad económica y financiera
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos: Artículo 75.1. a) del TRLCSP: Volumen anual de negocios, o
   bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
   contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
   licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
   pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
   reglamentariamente.
   Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: El criterio para la
   acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
   anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen
   de negocio de los 3 últimos concluidos (2012, 2013 y 2014) deberá ser
   de al menos 855 000 EUR.
   Se acreditará mediante declaración responsable firmada por el
   representante legal de la empresa.
   III.2.3)Capacidad técnica
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos:
   Artículo 77.1 a) TRLCSP: Relación de los principales suministros
   efectuados durante los últimos 5 años, indicando su importe, fechas y
   destinatario público o privado de los mismos. Los suministros
   efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
   el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
   público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
   certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
   una declaración del empresario.
   Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
   Relación firmada de los principales trabajos o suministros efectuados
   durante los últimos 5 años (2011 ,2012, 2013, 2014 y 2015), indicando
   fechas, importes y beneficiarios y exigiéndose expresamente que el
   valor acumulado de los trabajos similares realizados en dichos años sea
   igual o superior a 400 000 EUR. Deberá acreditarse mediante un máximo
   de 10 certificados (original o copia compulsada), conforme a lo
   indicado en el art. 67.5.b) 3º del R.D. 1098/2011, de 12 de octubre,
   Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Los
   trabajos o suministros cuyo destinatario hubiese sido un sujeto privado
   podrán ser acreditados, a falta del mencionado certificado, por una
   declaración del empresario licitador, teniendo en cuenta que en este
   caso deberán explicarse los motivos por los que no puede aportarse
   certificado del destinatario privado del trabajo realizado.
   Se entenderá por trabajos similares la producción del suministro,
   instalación y coordinación de la ejecución de proyectos museísticos y/o
   exposiciones permanentes o temporales para instituciones culturales
   públicas o privadas. Así mismo para aquellas entidades que asuman entre
   sus fines proyectos de interés cultural.
    Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios
   personales o materiales: Los licitadores deberán incluir, acompañando a
   los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de
   adscripción o dedicación de los medios personales suficientes para la
   ejecución del contrato requeridos en el punto 3.2.1. del pliego de
   prescripciones técnicas.
   III.2.4)Información sobre contratos reservados
   III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
   III.3.1)Información sobre una profesión concreta
   III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
   licitar o participar
   IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
   diálogo
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
   enumerados a continuación
   1. Organización de los trabajos. Ponderación 5
   2. Muestras. Ponderación 20
   3. Precio. Ponderación 45
   4. Mejoras técnicas. Ponderación 30
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se realizará una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente:
   300201500129
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   no
   IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
   documentación complementaria o del documento descriptivo
   Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso
   a los mismos: 12.2.2016
   Documentos sujetos a pago: no
   IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
   participación
   22.2.2016 - 14:00
   IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
   invitaciones a licitar o a participar
   IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
   solicitudes de participación
   español.
   IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
   mantener su oferta
   Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de
   ofertas)
   IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
   Fecha: 2.3.2016 - 10:00
   Lugar:
   calle Conde Duque, 9-11, Madrid 28015.
   Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
   Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento
   de apertura: Acto público.
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre la periodicidad
   Se trata de contratos periódicos: no
   VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.3)Información adicional
   VI.4)Procedimientos de recurso
   VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.4.2)Presentación de recursos
   VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen - DE-Frankfurt am Main
Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen
Dokument Nr...: 11273-2016 (ID: 2016011409054149003)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  DE-Frankfurt am Main: Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen
   2016/S 9/2016 11273
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Frankfurt am Main, Der Magistrat, Branddirektion
   Feuerwehrstr. 1
   Zu Händen von: Sandra Iamaio
   60435 Frankfurt am Main
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 69-212-725114
   E-Mail: [6]vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de
   Fax: +49 69-212-725119
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]www.feuerwehr-frankfurt.de
   Adresse des Beschafferprofils: vergabe.stadt-frankfurt.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen: vergabe.stadt-frankfurt.de
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   vergabe.stadt-frankfurt.de
   Weitere Auskünfte erteilen: Stadt Frankfurt am Main, Der Magistrat,
   Branddirektion
   Feuerwehrstr. 1
   Zu Händen von: Sandra Iamaio
   60435 Frankfurt am Main
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 69-212-725114
   E-Mail: [8]vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de
   Fax: +49 69-212-725119
   Internet-Adresse: vergabe.stadt-frankfurt.de
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Öffentliche Sicherheit und Ordnung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Fahrgestelle für Rettungstransportwagen (LDL015).
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Fahrtec Systeme GmbH, Genzkower Straße 10, 17034 Neubrandenburg.
   NUTS-Code DE712
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Lieferung von 10 Fahrgestellen des Typs Mercedes Benz Sprinter 519 CDI
   für Rettungstransportwagen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34211000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Gegenstand des Verfahrens ist die Lieferung von 10 Fahrgestellen
   (Mercedes Benz Sprinter 519 CDI) im Zeitraum vom 2.5.2016 bis
   31.10.2016.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 2.5.2016. Abschluss 31.10.2016
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Gemäß HVTG.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:  Falls zutreffend: Namentliche Bezeichnung der
   vorgesehenen Nachunternehmer;
    Falls zutreffend: Verpflichtungserklärung der vorgesehenen
   Nachunternehmer, dass diese sich im Falle der Auftragsvergabe an den
   Bieter verpflichten, die für im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen
   aufgeführten Leistungen zu erbringen sowie alle dafür erforderlichen
   personellen, sachlichen, finanziellen und sonstigen Mittel zur
   Verfügung zu stellen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Keine.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Keine.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Erfüllung aller Ausschlusskriterien der Leistungsbeschreibung
   2. Preis. Gewichtung 100
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   37-2015-00132
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 26.2.2016
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 15:30
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 29.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 8.3.2016 - 6:00
   Ort:
   Entfällt.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   In den Vergabeunterlagen sind alle Positionen als Ausschlusskriterium
   gekennzeichnet. Es werden nur Angebote gewertet, bei denen alle als
   Ausschlusskriterien gekennzeichneten Positionen durch den Bieter mit
   Ja beantwortet und somit erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als
   Ausschlusskriterium gekennzeichneten Position führt zum Ausschluss des
   Angebots von der weiteren Wertung.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Wilhelminenstr. 1-3
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151-12-5816
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften sind je nach Sachlage
   innerhalb von 3 bis 7 Tagen nach Kenntniserlangung gegenüber dem
   Auftraggeber zu rügen, § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB.
   Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig,
   wenn Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
   Bekanntmachung oder die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
   nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
   Frist zur Angebotsabgabe oder Bewerbung gerügt werden, § 107 Abs. 3 S.
   1 Nr. 2 und 3 GWB.
   Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsantrags ist unzulässig,
   wenn seit dem Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
   nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind, §
   107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB.
   Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsantrags ist zudem
   unzulässig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt wurde.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   12.1.2016
References
   6. mailto:vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de?subject=TED
   7. http://www.feuerwehr-frankfurt.de/
   8. mailto:vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Medizinische Geräte - ES-Vitoria-Gasteiz
Medizinische Geräte
Dokument Nr...: 11373-2016 (ID: 2016011409065049111)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  ES-Vitoria-Gasteiz: Medizinische Geräte
   2016/S 9/2016 11373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Osakidetza
   S5100023J
   c/ Álava, 45
   Kontaktstelle(n): Contratación
   01006 Vitoria-Gasteiz
   SPANIEN
   Telefon: +34 945006317
   E-Mail: [4]contrata@osakidetza.eus
   Fax: +34 945006345
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]www.osakidetza.euskadi.eus
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33100000
   Beschreibung
   Medizinische Geräte.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 476 032 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   B. Braun Medical, S.A.
   carretera de Terrassa, 121
   08191 Rubí (Barcelona)
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 577 700 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 500 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   General Electric Healthcare España, S.A.U.
   c/ Gobelas, 35-37
   28023 Madrid
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 577 700 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 000 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Steriltech, S.L.
   c/ Laguna de Marquesado, 14, nave 1
   28021 Madrid
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 577 700 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 244 500 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Steris Iberia, S.A.U.
   c/ Calendula, 95, Mini Parc II
   28109 Alcobendas (Madrid)
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 577 700 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 104 100 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Antonio Matachana, S.A.
   c/ Almogavares, 174-176
   08018 Barcelona
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 577 700 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 85 932 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:contrata@osakidetza.eus?subject=TED
   5. http://www.osakidetza.euskadi.eus/
OT: 14/01/2016    S9    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Procedimiento abierto
   España-Vitoria-Gasteiz: Equipamiento médico
   2016/S 009-011373
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Osakidetza
   S5100023J
   c/ Álava, 45
   Punto(s) de contacto: Contratación
   01006 Vitoria-Gasteiz
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 945006317
   Correo electrónico: [6]contrata@osakidetza.eus
   Fax: +34 945006345
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]www.osakidetza.euskadi.eus
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Otros: ente público de derecho privado
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Salud
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Suministro e instalación de equipamiento básico para el animalario de
   instituto de investigación sanitaria Biocruces.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Código NUTS ES21
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Suministro e instalación de equipamiento básico para el animalario de
   instituto de investigación sanitaria Biocruces.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33100000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 476 032 EUR
   IVA excluido
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
   1. Prescripciones técnicas. Ponderación 41
   2. Propuesta del plan de soporte. Ponderación 2
   3. Propuesta de plan de formación. Ponderación 2
   4. Precio de la oferta. Ponderación 51
   5. Garantía. Ponderación 4
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se ha realizado una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   G/140/20/0/0936/O661/0000/062015
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio de licitación
   Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 130-239049 de 9.7.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: 1 Lote Nº: 1 - Denominación: Bombas
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   23.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   B. Braun Medical, S.A.
   carretera de Terrassa, 121
   08191 Rubí (Barcelona)
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 577 700 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 19 500 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Contrato Nº: 2 Lote Nº: 2 - Denominación: Respirador
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   23.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   General Electric Healthcare España, S.A.U.
   c/ Gobelas, 35-37
   28023 Madrid
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 577 700 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 22 000 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Contrato Nº: 3 Lote Nº: 6 - Denominación: Racks
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   23.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Steriltech, S.L.
   c/ Laguna de Marquesado, 14, nave 1
   28021 Madrid
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 577 700 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 244 500 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Contrato Nº: 4 Lote Nº: 7 - Denominación: Equipamiento suspendido
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   23.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Steris Iberia, S.A.U.
   c/ Calendula, 95, Mini Parc II
   28109 Alcobendas (Madrid)
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 577 700 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 104 100 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Contrato Nº: 5 Denominación: Lote 8: Mesa quirúrgica. Lote 9:
   Mobiliario variado
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   23.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 1
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Antonio Matachana, S.A.
   c/ Almogavares, 174-176
   08018 Barcelona
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 577 700 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 85 932 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: sí
   Referencia de los proyectos o programas: Proyecto cofinanciado con
   fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo de la Comunidad
   Autónoma del País Vasco para el periodo de programación 2007-2013.
   VI.2)Información adicional:
   Los lotes 3, 4 y 5 han quedado desiertos.
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Órgano de Contratación de Osakidetza
   c/ Álava, 45
   01006 Vitoria-Gasteiz.
   Correo electrónico: [9]contrata@osakidetza.eus
   Teléfono: +34 945006152
   Dirección Internet: [10]www.osakidetza.euskadi.eus
   Fax: +34 945006345
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   Osakidetza, Dirección General, Subdirección de Compras, Obras y
   Servicios Estratégicos
   c/ Álava, 45
   01006 Vitoria-Gasteiz.
   Correo electrónico: [11]contrata@osakidetza.eus
   Teléfono: +34 945006152
   Dirección Internet: [12]www.osakidetza.euskadi.eus
   Fax: +34 945006345
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Lehrmaterial - UK-Wrexham
Lehrmaterial
Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe
Büromaterial
Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
Trennblätter
Dokument Nr...: 11473-2016 (ID: 2016011409080749218)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  UK-Wrexham: Lehrmaterial
   2016/S 9/2016 11473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Wrexham County Borough Council
   Lampbit Street
   Zu Händen von: Rachel Glynn-Thomas
   LL11 1AR Wrexham
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1978292791
   E-Mail: [4]rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA026
   4
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   39162000, 22800000, 30192700, 30199000, 30199600
   Beschreibung
   Lehrmaterial.
   Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes
   Büromaterial aus Papier oder Pappe.
   Büromaterial.
   Bürobedarf aus Papier und andere Artikel.
   Trennblätter.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 100 000 GBP
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Internet-Adresse: [6]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Internet-Adresse: [7]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Internet-Adresse: [8]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Internet-Adresse: [9]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk?subject=TED
   5. http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0264
   6. http://www.theconsortium.co.uk/
   7. http://www.theconsortium.co.uk/
   8. http://www.theconsortium.co.uk/
   9. http://www.theconsortium.co.uk/
OT: 14/01/2016    S9    - - Supplies - Contract award notice - Open
   procedure
   United Kingdom-Wrexham: Educational equipment
   2016/S 009-011473
   Contract award notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Wrexham County Borough Council
   Lampbit Street
   For the attention of: Rachel Glynn-Thomas
   LL11 1AR Wrexham
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1978292791
   E-mail: [6]rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile:
   [7]http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA026
   4
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   Education
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: yes
   Blaenau Gwent
   Cardiff
   Monmouthshire
   Newport
   Torfaen
   Vale of Glamorgan
   Carmarthen
   Neath Port Talbot
   Pembrokeshire
   Swansea
   Ceredigion
   Powys
   Wrexham
   Flintshire
   Denbighshire
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   WPC Framework for the Supply of Educational and Curriculum Aids.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Wales.
   NUTS code UKL15
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   Wrexham County Borough Council, on behalf of the Welsh Purchasing
   Consortium (WPC) is the Lead Authority for this collaborative
   procurement exercise for the supply of Educational and Curriculum Aids.
   The participating Authorities are being split into four Lots which are:
   Lot 1  South East Wales.
   (Blaenau Gwent / Cardiff / Monmouthshire / Newport / Torfaen / Vale of
   Glamorgan).
   Lot 2  South West Wales.
   (Carmarthen / Neath Port Talbot / Pembrokeshire / Swansea).
   Lot 3  Mid Wales.
   (Ceredigion / Powys).
   Lot Four  North Wales.
   (Wrexham / Flintshire / Denbighshire).
   This Framework Agreement will commence upon award and run for 2 years
   with the option to extend for a further 2 years in Annual Increments.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   39162000, 22800000, 30192700, 30199000, 30199600
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 4 100 000 GBP
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Technical. Weighting 40
   2. Commercial. Weighting 60
   IV.2.2)Information about electronic auction
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   Proc 14-65
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Contract notice
   Notice number in the OJEU: [8]2015/S 129-237024 of 8.7.2015
   Section V: Award of contract
   Lot No: 1 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
   Curriculum Aids
   V.1)Date of contract award decision:
   2.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 7
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   UNITED KINGDOM
   Internet address: [9]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   Lot No: 2 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
   Curriculum Aids
   V.1)Date of contract award decision:
   2.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 7
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   UNITED KINGDOM
   Internet address: [10]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   Lot No: 3 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
   Curriculum Aids
   V.1)Date of contract award decision:
   2.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   UNITED KINGDOM
   Internet address: [11]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   Lot No: 4 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
   Curriculum Aids
   V.1)Date of contract award decision:
   2.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   The Consortium
   Hammond Way
   BA14 8RR Trowbridge
   UNITED KINGDOM
   Internet address: [12]www.theconsortium.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   VI.2)Additional information:
   (WA Ref:39570).
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Buchprüfung - DE-Berlin
Buchprüfung
Dokument Nr...: 11573-2016 (ID: 2016011409092349317)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  DE-Berlin: Buchprüfung
   2016/S 9/2016 11573
   Rechnungshof von Berlin, An der Urania 4-10, Rechnungshof von Berlin,
   Zu Händen von: Regina Brandenburger, Andrea Cerajewski, Berlin 10787,
   DEUTSCHLAND. Telefon: +49 3088613629 / 3088613441. Fax: +49 3088613120.
   E-Mail: rbrandenburger@rh.berlin.de
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
   246-447785)
   Betr.:
   CPV:79212100
   Buchprüfung
   Anstatt:
   II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung:
   Abschluss:
   30.6.2020
   muss es heißen:
   II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung:
   Abschluss:
   30.6.2021
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447785-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Krankenhäusern - IT-Rom
Dienstleistungen von Krankenhäusern
Dokument Nr...: 11673-2016 (ID: 2016011409103749408)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  IT-Rom: Dienstleistungen von Krankenhäusern
   2016/S 9/2016 11673
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   INMI L. Spallanzani
   Via Portuense 292
   Zu Händen von: dott.ssa Simona Di Giovanni
   00149 Roma
   ITALIEN
   E-Mail: [4]simona.digiovanni@inmi.it
   Fax: +39 0655170810
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.inmi.it
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   85111000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Krankenhäusern.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   4.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Italienisch.
References
   4. mailto:simona.digiovanni@inmi.it?subject=TED
   5. http://www.inmi.it/
OT: 14/01/2016    S9    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
   Italia-Roma: Servizi ospedalieri
   2016/S 009-011673
   Bando di gara
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   INMI L. Spallanzani
   Via Portuense 292
   All'attenzione di: dott.ssa Simona Di Giovanni
   00149 Roma
   ITALIA
   Posta elettronica: [6]simona.digiovanni@inmi.it
   Fax: +39 0655170810
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [7]www.inmi.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
   sopra indicati
   Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
   documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
   acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
   indicati
   Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
   contatto sopra indicati
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Organismo di diritto pubblico
   I.3)Principali settori di attività
   Salute
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
   aggiudicatrice:
   Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 55
   del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per il periodo di un anno,
   eventualmente rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi del servizio di
   Ausiliariato dell'Istituto.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Codice NUTS ITE43
   II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
   sistema dinamico di acquisizione (SDA)
   II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
   II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 55
   del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per il periodo di un anno,
   eventualmente rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi del servizio di
   Ausiliariato dell'Istituto.
   II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   85111000
   II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
   II.1.8)Lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.1.9)Informazioni sulle varianti
   II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
   II.2.1)Quantitativo o entità totale:
   Valore stimato, IVA esclusa: 700 000 EUR
   II.2.2)Opzioni
   Opzioni: no
   II.2.3)Informazioni sui rinnovi
   L'appalto è oggetto di rinnovo: no
   II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
   Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
   Vedi disciplinare di gara.
   III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   Vedi disciplinare di gara.
   III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
   operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
   Vedi disciplinare di gara.
   III.1.4)Altre condizioni particolari
   La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
   requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
   registro commerciale
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Vedi disciplinare di gara.
   III.2.2)Capacità economica e finanziaria
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Vedi disciplinare di gara.
   Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare
   di gara.
   III.2.3)Capacità tecnica
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti:
   Vedi disciplinare di gara.
   Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
   Vedi disciplinare di gara.
   III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
   III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
   III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
   III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
   unofferta
   IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
   dialogo
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
   capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
   oppure nel documento descrittivo
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice:
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
   complementari o il documento descrittivo
   Documenti a pagamento: no
   IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
   partecipazione
   4.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
   presentare offerte o a partecipare
   IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
   domande di partecipazione
   italiano.
   IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
   propria offerta
   IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sulla periodicità
   Si tratta di un appalto periodico: no
   VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.3)Informazioni complementari
   VI.4)Procedure di ricorso
   VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   VI.4.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi
   disciplinare di gara.
   VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Molen - IT-Neapel
Molen
Dokument Nr...: 1173-2016 (ID: 2016010509012338513)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  IT-Neapel: Molen
   2016/S 2/2016 1173
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Autorità portuale di Napoli
   P.le Carlo Pisacane  interno porto
   Kontaktstelle(n): Ufficio Contratti
   80133 Napoli
   ITALIEN
   Telefon: +39 0812283-238/239
   E-Mail: [3]l.trito@porto.napoli.it, [4]r.notarangelo@porto.napoli.it
   Fax: +39 081206888
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.porto.napoli.it
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45244200
   Beschreibung
   Molen .
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.3.2016
References
   3. mailto:l.trito@porto.napoli.it?subject=TED
   4. mailto:r.notarangelo@porto.napoli.it?subject=TED
   5. http://www.porto.napoli.it/
OT: 05/01/2016    S2    - - Lavori - Avviso di preinformazione senza
   indizione di gara - Non applicabile
   Italia-Napoli: Banchine
   2016/S 002-001173
   Avviso di preinformazione
   Lavori
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Autorità portuale di Napoli
   P.le Carlo Pisacane  interno porto
   Punti di contatto: Ufficio Contratti
   80133 Napoli
   ITALIA
   Telefono: +39 0812283-238/239
   Posta elettronica:
   [5]l.trito@porto.napoli.it, [6]r.notarangelo@porto.napoli.it
   Fax: +39 081206888
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]http://www.porto.napoli.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
   sopra indicati
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Organismo di diritto pubblico
   I.3)Principali settori di attività
   Altro: autorità portuale
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II.A: Oggetto dell'appalto (Lavori)
   II.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
   aggiudicatrice:
   Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante
   del molo Pisacane.
   II.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione
   Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:
   ITF33
   II.3)Informazioni relative all'accordo quadro
   Lavviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no
   II.4)Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori
   Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante
   del molo Pisacane.
   Valore stimato, IVA esclusa: 9 656 089,40 EUR
   Lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   45244200
   II.6)Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e
   durata dell'appalto
   Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : 1.3.2016
   II.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   II.8)Informazioni complementari:
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   Art. 1, comma 983, L. 296/06 per 8 221 254,60; fondi A.P. Napoli 3 278
   743,40 EUR.
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Informazioni concernenti appalti riservati
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Informazioni sul quadro normativo generale
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - DE-Wiesbaden
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 11773-2016 (ID: 2016011409114849510)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  DE-Wiesbaden: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
   2016/S 9/2016 11773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für
   Datenverarbeitung
   Mainzer Straße 29
   Zu Händen von: Jannis Hein
   65185 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 611/340-1946
   E-Mail: [6]jannis.hein@hzd.hessen.de
   Fax: +49 611/340-1150
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.vergabe.hessen.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Unterstützungsleistungen eBeihilfe Hessen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 7: Datenverarbeitung und verbundene
   Tätigkeiten
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34112 Kassel.
   NUTS-Code DE7
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
   Laufzeit der Rahmenvereinbarung
   Laufzeit in Jahren: 4
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Unterstützungsleistungen eBeihilfe Land Hessen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72000000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist der Abschluss eines
   Rahmenvertrages mit einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren mit einer
   2-maligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 5.4.2016. Abschluss 4.4.2020
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Rahmenvertrag.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Der Bieter hat die
   Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ausgefüllt und
   mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
   Verpflichtungserklaerung_oeff_AG) auf der Vergabeplattform)
   vorzulegen.
   Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
   solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
   Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
   Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Bieter und Subunternehmer werden anhand der
   geforderten Nachweise, Zertifikate, Erklärungen und Dokumente auf ihre
   Eignung bzgl. Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
   geprüft. Geforderte Eignungsnachweise/Erklärungen (gem. § 7 EG Abs. 1
   VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise vorliegen,
   sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig. In diesem Fall muss
   vom Bieter der Hinweis aufgenommen werden, dass Unterlagen z. B. im
   Hessischen Präqualifikationsregister (HPQR) oder im bundesweiten
   Präqualifizierungsregister PQ-VOL ([9]www.pq-vol.de) vorliegen. Das
   gültige Zertifikat inklusive der Anlage muss dem Angebot beigefügt
   werden. Weitergehende oder zusätzliche Nachweise/Erklärungen, die
   gefordert werden und nicht in Präqualifizierungsregistern enthalten
   sind, müssen in Papierform dem Angebot beigefügt werden.
   An die Eignung werden hohe Anforderungen gestellt. Die Eignungsprüfung
   erfolgt anhand folgender Kriterien:
   1. Erklärung gem. § 19 EG Abs. 4 i. V. m. § 6 EG Abs. 6 VOL/A.
   Der Bieter hat die Erklärung gem. § 19 EG Abs. 4 i.V.m. § 6 EG Abs. 6
   VOL/A ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
   Eigenerklaerung_19 EG_VOLA auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
   Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
   solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
   Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
   Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
   2. Erklärung betr. Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen.
   Der Bieter hat die Erklärung betr. Ausschluss wegen schwerer
   Verfehlungen ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
   Erklaerung_Ausschluss auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
   Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
   solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
   Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
   Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Zusage bzw. Nachweis bzgl.
   Haftpflichtversicherung.
   Der Bieter legt eine schriftliche Zusage vor (Datei Zusage_HPV auf
   der Vergabeplattform), dass er für den Fall des Zuschlags eine
   Haftpflichtversicherung für die Dauer der Vertragslaufzeit abschließen
   wird bzw.  falls bereits vorhanden  eine solche besteht. Die
   Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens:
   für Personenschäden 500 000 EUR,
   für Sachschäden 500 000 EUR,
   für Vermögensschäden 5 000 000 EUR
   betragen. Insgesamt sind jedoch 10 000 000 EUR pro Schadensart für die
   Laufzeit des Vertrages ausreichend.
   Bei Bietergemeinschaften ist nur die schriftliche Zusage bzw. der
   Nachweis eines Mitglieds zwingend erforderlich.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   1. Eignungskatalog.
   Der Bieter hat den vollständig ausgefüllten Eignungskatalog inkl. aller
   Anlagen vorzulegen (Datei Eignungskatalog und dazugehörige Anlagen
   auf der Vergabeplattform).
   Bei der Bewertung der Eignung wird die folgende Kriterienart verwendet:
   A(usschluss)-Kriterien:
   A-Kriterien sind fachliche Ausschlusskriterien und müssen
   uneingeschränkt erfüllt werden. Wird ein A-Kriterium nicht erfüllt,
   erfolgt der Ausschluss des entsprechenden Angebotes wegen
   Nichterfüllung.
   Die fachlichen Ausschlusskriterien ergeben sich aus dem Eignungskatalog
   (Datei Eignungskatalog auf der Vergabeplattform).
   Erforderliche Erklärungen bei Angeboten von Bietergemeinschaften oder
   bei Einsatz von Subunternehmern.
   2. Verpflichtungserklärung (nur bei geplantem Subunternehmereinsatz).
   Bei geplantem Subunternehmereinsatz ist vom Bieter ein Verzeichnis der
   Subunternehmerleistungen (Datei
   VOL_235_Verzeichnis_Unternehmerleistungen) vorzulegen.
   Bei geplantem Subunternehmereinsatz ist von jedem Subunternehmer eine
   Verpflichtungserklärungen (Datei VOL_236_Verpflichtungserklaerung auf
   der Vergabeplattform) vorzulegen.
   3. Bietergemeinschaftserklärung (nur bei Bietergemeinschaften).
   Bietergemeinschaften haben die sog. Bietergemeinschaftserklärung
   ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
   Bietergemeinschaftserklaerung auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
   vorbehalten: nein
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
   Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
   Dienstleistung verantwortlich sind: nein
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   VG-A3000-2015-0020
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 23.2.2016
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   23.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 4.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Ort:
   Entfällt.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Eine Beschreibung der zu vergebenden Leistung steht auf der
   Vergabeplattform des Landes Hessen ([10]www.vergabe.hessen.de) zur
   Verfügung und muss dort heruntergeladen werden.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Wilhelminenstraße 1-3
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6151/126601
   Fax: +49 6151/125816
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des
   Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein
   Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 107 III S.
   1 Nr. 4 GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   12.1.2016
References
   6. mailto:jannis.hein@hzd.hessen.de?subject=TED
   7. http://www.vergabe.hessen.de/
   8. http://www.vergabe.hessen.de/
   9. http://www.pq-vol.de/
  10. http://www.vergabe.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Computerunterstützung und -beratung - ES-Madrid
Computerunterstützung und -beratung
Dokument Nr...: 11873-2016 (ID: 2016011409125349598)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  ES-Madrid: Computerunterstützung und -beratung
   2016/S 9/2016 11873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
   Infraestructura
   Paseo de la Castellana, 109, 9ª planta
   Kontaktstelle(n): Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
   Dirección General de Infraestructura
   28046 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 912132326
   E-Mail: [4]contratacion_digenin@oc.mde.es
   Fax: +34 912132556
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72600000
   Beschreibung
   Computerunterstützung und -beratung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 173 034,26 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 100421501595 Los-Nr: 05
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Everis Spain, S.L.U.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 159 825,15 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 173 034,26 EUR
References
   4. mailto:contratacion_digenin@oc.mde.es?subject=TED
   5. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
OT: 14/01/2016    S9    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato
   - Procedimiento abierto
   España-Madrid: Servicios de apoyo informático y de consultoría
   2016/S 009-011873
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Servicios
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
   Infraestructura
   Paseo de la Castellana, 109, 9ª planta
   Punto(s) de contacto: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
   Dirección General de Infraestructura
   28046 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 912132326
   Correo electrónico: [6]contratacion_digenin@oc.mde.es
   Fax: +34 912132556
   Direcciones Internet:
   Dirección del perfil de comprador:
   [7]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
   delegaciones regionales o locales
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Defensa
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Servicios de consultoría asociados al planeamiento, tecnologías y
   seguridad para la Subdirección General de Tecnologias de la Informacion
   y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Servicios
   Código NUTS ES
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Servicios de consultoría asociados al planeamiento, tecnologías y
   seguridad para la Subdirección General de Tecnologias de la Informacion
   y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   72600000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 173 034,26 EUR
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   1004215015900
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio de licitación
   Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 198-359748 de 13.10.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: 100421501595 Lote Nº: 05 - Denominación: Servicios de
   apoyo a las actividades del Laboratorio de Seguridad de la Información
   a análisis de vulnerabilidades
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   22.12.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Everis Spain, S.L.U.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 159 825,15 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 173 034,26 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erstellen von Adressenlisten, Postversand - DE-München
Erstellen von Adressenlisten, Postversand
Dokument Nr...: 11973-2016 (ID: 2016011409140849693)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  DE-München: Erstellen von Adressenlisten, Postversand
   2016/S 9/2016 11973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bayer. Landesamt für Steuern
   Sophienstr. 6
   Zu Händen von: Claudia Eder
   80333 München
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8999911572
   E-Mail: [6]ausschreibung@lfst.bayern.de
   Fax: +49 8999911510
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.lfst.bayern.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Wirtschaft und Finanzen
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Erklärungsversand 2015-2017.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Vorbereitung des zentralen Versands der
   Einkommensteuererklärungsvordrucke 2015 bis 2017 (je ca. 1 200 000
   Sendungen) für Bayern einschl. Erstellen von Vorlegeblättern und
   Portooptimierung. Durchführung der Maßnahme jährlich jeweils ca. 20.
   Nov.  20. Dez.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79570000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   2014CED000002/H 1620.2.1-367
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 013-019439 vom 20.1.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   26.3.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   arvato direct services Gütersloh GmbH
   An der Autobahn 300
   33333 Gütersloh
   DEUTSCHLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   12.1.2016
References
   6. mailto:ausschreibung@lfst.bayern.de?subject=TED
   7. http://www.lfst.bayern.de/
   8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019439-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - UK-London
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Softwarepaket und Informationssysteme
Dokument Nr...: 12073-2016 (ID: 2016011409151349788)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  UK-London: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
   2016/S 9/2016 12073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Financial Conduct Authority
   25 The North Colonnade
   Zu Händen von: Richard Pearson
   E14 5HS London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2070661000
   E-Mail: [4]richard.pearson@fca.org.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.fca.org.uk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72000000, 48000000
   Beschreibung
   IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
   Softwarepaket und Informationssysteme.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Niedrigstes Angebot 2 500 000 und höchstes Angebot 5 000 000 GBP
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: ACT-15-010
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Amazon Web Services
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 60
References
   4. mailto:richard.pearson@fca.org.uk?subject=TED
   5. http://www.fca.org.uk/
OT: 14/01/2016    S9    - - Services - Contract award notice - Open
   procedure
   United Kingdom-London: IT services: consulting, software development,
   Internet and support
   2016/S 009-012073
   Contract award notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Financial Conduct Authority
   25 The North Colonnade
   For the attention of: Richard Pearson
   E14 5HS London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2070661000
   E-mail: [6]richard.pearson@fca.org.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.fca.org.uk
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Economic and financial affairs
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   ACT-15-010  Provision of Cloud Hosting Services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 7: Computer and related services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   UK.
   NUTS code UK
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   The FCA is seeking to leverage mature Cloud IT capabilities in order to
   improve service value and control risk.
   This forms part of the FCA Technology strategy where there is a desire
   to use Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service
   capabilities (PaaS).
   It is therefore looking to secure a Cloud Hosting Services Provider to
   support both new FCA solution demand and be able to service existing
   and legacy applications migrated to a Virtual Private Cloud (VPC)
   estate.
   The objective of this procurement is to secure a Hosting Service
   Provider with sufficient depth of core capabilities, breadth of value
   add services, established licensing arrangements and competitive
   pricing positions.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   72000000, 48000000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Lowest offer 2 500 000 and highest offer 5 000 000 GBP
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   IV.2.2)Information about electronic auction
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   ACT-15-010
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Section V: Award of contract
   Contract No: ACT-15-010
   V.1)Date of contract award decision:
   12.1.2016
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 12
   Number of offers received by electronic means: 12
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Amazon Web Services
   V.4)Information on value of contract
   If annual or monthly value:
   Number of months: 60
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   The Contracting Authority intends to use an eTendering system in this
   procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   As detailed in Section I
   Body responsible for mediation procedures
   As detailed in Section I
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   As detailed in Section I
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - PL-Tarnobrzeg
Versicherungen
Dokument Nr...: 12173-2016 (ID: 2016011409160049889)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  PL-Tarnobrzeg: Versicherungen
   2016/S 9/2016 12173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
   ul. Szpitalna 1
   Zu Händen von: Maria Matyka-Bandurka
   39-400 Tarnobrzeg
   POLEN
   Telefon: +48 158123208
   E-Mail: [4]przetargi@szpitaltbg.pl
   Fax: +48 158123208
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.szpitaltbg.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66510000
   Beschreibung
   Versicherungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 351 753,72 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie
   ul. Sokoa 4
   35-010 Rzeszów
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 360 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 315 622 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   STU Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
   ul. Sienkiewicza 11
   44-100 Gliwice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 36 131,72 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
References
   4. mailto:przetargi@szpitaltbg.pl?subject=TED
   5. http://www.szpitaltbg.pl/
OT: 14/01/2016    S9    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Tarnobrzeg: Usugi ubezpieczeniowe
   2016/S 009-012173
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
   ul. Szpitalna 1
   Osoba do kontaktów: Maria Matyka-Bandurka
   39-400 Tarnobrzeg
   POLSKA
   Tel.: +48 158123208
   E-mail: [6]przetargi@szpitaltbg.pl
   Faks: +48 158123208
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.szpitaltbg.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Usuga kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z
   Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 6: Usugi finansowe a) Usugi ubezpieczeniowe b)
   Usugi bankowe i inwestycyjne
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Wojewódzki Szpital im. Zofii z
   Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
   Tarnobrzeg.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Zamówienie zostao podzielone na nastpujce czci (pakiety).
   Zamawiajcy dopuszcza moliwo zoenia oferty na dowoln liczb
   pakietów.
   Pakiet I
   1. Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu
   wykonujcego dziaalno lecznicz
   2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu
   prowadzonej dziaalnoci pozamedycznej i posiadanego mienia
   3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ywioów
   4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stuczenia
   5. Ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz ryzyka
   dewastacji
   6. Ubezpieczenie sprztu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
   7. Ubezpieczenie maszyn od awarii
   8. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu
   prowadzenia dziaalnoci medycznej.
   Pakiet II
   1. Ubezpieczenia komunikacyjne.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   66510000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 1 351 753,72 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 80
   2. Warunki ubezpieczenia. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   131/2015/N/Tarnobrzeg
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 209-380063 z dnia 28.10.2015
   Inne wczeniejsze publikacje
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 232-421870 z dnia 1.12.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet I
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   22.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie
   ul. Sokoa 4
   35-010 Rzeszów
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 360 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 315 622 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet II
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   22.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   STU Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
   ul. Sienkiewicza 11
   44-100 Gliwice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 60 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 36 131,72 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcy, a
   take innemu podmiotowi, przysuguj rodki ochrony prawnej okrelone w
   dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych, jeeli ma lub mia interes
   w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w
   wyniku naruszenia przez zamawiajcego przepisów ustawy.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych  Departament Odwoa
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [12]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [13]www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Schachtaushubmaschinen - RO-Medias
Teile für Schachtaushubmaschinen
Dokument Nr...: 12273-2016 (ID: 2016011409172949990)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  RO-Medias: Teile für Schachtaushubmaschinen
   2016/S 9/2016 12273
   Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA, Soseaua Sibiului nr.
   5, Serviciul Contracte, Zu Händen von: Popa Elena, Medias 551129,
   RUMÄNIEN. Telefon: +40 269805133. Fax: +40 269830283. E-Mail:
   elena.popa@romgaz.ro
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
   248-452952)
   Betr.:
   CPV:43612000
   Teile für Schachtaushubmaschinen
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 11.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452952-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 14/01/2016    S9    - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Medias: Piese pentru utilaje de sonde de extracie
   2016/S 009-012273
   Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA, Soseaua Sibiului nr.
   5, Serviciul Contracte, În atenia: Popa Elena, Medias 551129, ROMÂNIA.
   Telefon: +40 269805133. Fax: +40 269830283. E-mail:
   elena.popa@romgaz.ro
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 23.12.2015,
   [1]2015/S 248-452952)
   În ceea ce privete:
   CPV:43612000
   Piese pentru utilaje de sonde de extracie
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 11.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Installation von Zentralheizungen - SE-Malmö
Installation von Zentralheizungen
Kesselanlagen
Reparatur und Wartung von Anlagen
Schweißarbeiten
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 12373-2016 (ID: 2016011409183150086)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  SE-Malmö: Installation von Zentralheizungen
   2016/S 9/2016 12373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
   Box 503 44
   Zu Händen von: Sofie Jakandré
   SE-202 13 Malmö
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]sofie.jakandre@sysav.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45331100, 42160000, 45259000, 45262680, 50720000
   Beschreibung
   Installation von Zentralheizungen.
   Kesselanlagen.
   Reparatur und Wartung von Anlagen.
   Schweißarbeiten.
   Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 1
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Slovwelding s.r.o.
   Mudrunova 35
   93401 Levice
   SLOWAKEI
   Internet-Adresse: slovwelding.sk
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 2
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Pilum Envipower AB
   Lundv. 6 B
   SE-818 33 Valbo
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [5]www.envipower.se
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:sofie.jakandre@sysav.se?subject=TED
   5. http://www.envipower.se/
OT: 14/01/2016    S9    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet
   förfarande
   Sverige-Malmö: Installation av centralvärme
   2016/S 009-012373
   Meddelande om tilldelning av kontrakt  försörjningssektorerna
   Direktiv 2004/17/EG
   Avsnitt I: Upphandlande enhet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
   Box 503 44
   Att: Sofie Jakandré
   SE-202 13 Malmö
   SVERIGE
   E-post: [6]sofie.jakandre@sysav.se
   I.2)Huvudsaklig verksamhet
   Produktion, transport och distribution av gas och värme
   I.3)Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Benämning på upphandlingen
   Ramavtal för underhållsarbeten i pannor och kringutrustning inkl.
   licenssvetsning.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Skåne län.
   NUTS-kod SE224
   II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
   Upphandlingens huvudsakliga syfte är att köpa in reparations- och
   underhållsarbeten inklusive licenssvetsning för pannor med
   kringutrustning (roster m.m.) till Sysavs förbränningsanläggning i
   Malmö. Arbetena kommer att utföras dels som en del i Sysavs tekniska
   revision under vecka 1839 (härefter benämnda planerade arbeten) och
   dels som akuta arbeten. Sysav kommer att anta maximalt fyra (4)
   leverantörer i rangordning. Leverantören skall tillhandahålla för
   tjänsternas utförande erforderlig utrustning i enlighet med detta
   förfrågningsunderlag jämte bilagor.
   II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   45331100, 42160000, 45259000, 45262680, 50720000
   II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
   368/14
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   Meddelande om upphandling
   Meddelandenummer i EUT: [7]2014/S 210-372820 av den 31.10.2014
   Avsnitt V: Kontraktstilldelning
   V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
   Kontrakt nr: 1
   Benämning: Slovwelding s.r.o
   V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   23.1.2015
   V.1.2)Information om anbuden
   V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Slovwelding s.r.o.
   Mudrunova 35
   93401 Levice
   SLOVAKIEN
   Internetadress: slovwelding.sk
   V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.1.5)Information om underentreprenader
   V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp
   V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
   Kontrakt nr: 2
   Benämning: Pilum Envipower AB
   V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   23.1.2015
   V.1.2)Information om anbuden
   V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Pilum Envipower AB
   Lundv. 6 B
   SE-818 33 Valbo
   SVERIGE
   Internetadress: [8]www.envipower.se
   V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.1.5)Information om underentreprenader
   V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Information om EU-medel
   VI.2)Kompletterande information:
   Visma TendSign-annons: [9]http://www.opic.com/notice.asp?req=dibvcnnl
   VI.3)Överprövningsförfaranden
   VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.3.2)Överprövning
   VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.4)Datum då meddelandet sänts:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Krankenhausbetten - CH-Ittigen
Krankenhausbetten
Dokument Nr...: 12473-2016 (ID: 2016011409193250179)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
  CH-Ittigen: Krankenhausbetten
   2016/S 9/2016 12473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Logistikbasis der Armee Sanität Armeeapotheke
   Worblentalstraße 36
   3063 Ittigen
   SCHWEIZ
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
   einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   252 medizinische Betten für KSD-Spitäler.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33192120
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [6]2015/S 169-309038 vom 2.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   6.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIFTAC (Schweiz) AG
   Werdenstraße 72
   9472 Grabs
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 814 453,95 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
   innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
   Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
   Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
   Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
   beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
   Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
   beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 893519.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
References
   6. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309038-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 14/01/2016    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene
   Aufträge - Offenes Verfahren
   die Schweiz-Ittigen: Krankenhausbetten
   2016/S 009-012473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Logistikbasis der Armee Sanität Armeeapotheke
   Worblentalstraße 36
   3063 Ittigen
   SCHWEIZ
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
   einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   252 medizinische Betten für KSD-Spitäler.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33192120
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [6]2015/S 169-309038 vom 2.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   6.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIFTAC (Schweiz) AG
   Werdenstraße 72
   9472 Grabs
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 814 453,95 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
   innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
   Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
   Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
   Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
   beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
   Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
   beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 893519.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FI-Hämeenlinna
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 12573-2016 (ID: 2016011509012450344)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FI-Hämeenlinna: Bauarbeiten
   2016/S 10/2016 12573
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
   1972415-6
   PL1000
   Kontaktstelle(n): Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
   Zu Händen von: Timo Saviniemi
   FI-13101 Hämeenlinna
   FINNLAND
   Telefon: +358 36212112
   E-Mail: [4]timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.hmlliikuntahallit.fi/
   Weitere Auskünfte erteilen: Linnan Kiinteistökehitys Oy
   1059269-5
   Visamäentie 33
   Zu Händen von: Teemu Haaja
   FI-13100 Hämeenlinna
   FINNLAND
   Telefon: +358 404551040
   E-Mail: [6]teemu.haaja@linnan.fi
   Internet-Adresse: [7]http://linnan.fi/
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Linnan
   Kiinteistökehitys Oy
   Visamäentie 33
   Zu Händen von: Teemu Haaja
   FI-13100 Hämeenlinna
   FINNLAND
   Telefon: +358 404551040
   E-Mail: [8]teemu.haaja@linnan.fi
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 23.2.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   23.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Finnisch.
References
   4. mailto:timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi?subject=TED
   5. http://www.hmlliikuntahallit.fi/
   6. mailto:teemu.haaja@linnan.fi?subject=TED
   7. http://linnan.fi/
   8. mailto:teemu.haaja@linnan.fi?subject=TED
OT: 15/01/2016    S10    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely
   Suomi-Hämeenlinna: Rakennustyöt
   2016/S 010-012573
   Hankintailmoitus
   Rakennusurakat
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
   1972415-6
   PL1000
   Yhteyspiste(et): Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
   Vastaanottaja: Timo Saviniemi
   FI-13101 Hämeenlinna
   SUOMI
   Puhelin: +358 36212112
   Sähköpostiosoite: [6]timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi
   Internet-osoite (-osoitteet):
   Hankintaviranomaisen yleisosoite: [7]http://www.hmlliikuntahallit.fi/
   Osoite, josta saa lisätietoja: Linnan Kiinteistökehitys Oy
   1059269-5
   Visamäentie 33
   Vastaanottaja: Teemu Haaja
   FI-13100 Hämeenlinna
   SUOMI
   Puhelin: +358 404551040
   Sähköpostiosoite: [8]teemu.haaja@linnan.fi
   Internet-osoite: [9]http://linnan.fi/
   Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
   Linnan Kiinteistökehitys Oy
   Visamäentie 33
   Vastaanottaja: Teemu Haaja
   FI-13100 Hämeenlinna
   SUOMI
   Puhelin: +358 404551040
   Sähköpostiosoite: [10]teemu.haaja@linnan.fi
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Muu: kunnan omistama liikuntahalliyhtiö
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
   puolesta: ei
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   Hämeenlinnan Uimahalli, peruskorjaus ja laajennus.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Rakennusurakat
   Toteutus
   Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Hämeenlinna.
   NUTS-koodi FI184
   II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
   dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
   II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
   II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Hankinnan kohde
   Hämeenlinnan uimahallin peruskorjaaminen sekä uudisrakentamisena
   toteutettavan sisäliikunta- ja aputiloja sisältävän laajennusosan
   rakentaminen.
   Peruskorjaus sisältää eri tilakokonaisuuksia, joissa toteutetaan eri
   tasoisia toimenpiteitä raskaasta peruskorjaamisesta kevyeen
   pintasaneeraukseen. Peruskorjattavien olemassa olevien tilojen
   kokonaisala on n. 6 400 brm².
   Laajennusosan kokonaisala on n. 1 520 brm².
   Urakkamuotona kokonaisurakka sisältäen peruskorjauksen ja laajennuksen
   valmiiksi saattamiseksi tarvittavat työt, sisältäen mm. pilaantuneiden
   maiden maanrakennustyöt, maanrakennustyöt, vihertyöt, rakennustekniset
   työt, LVIAS-työt sekä vedenkäsittelyjärjestelmän työt.
   II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   45000000
   II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.1.8)Osat
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
   Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
   II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
   II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
   Arvioitu arvo ilman alv:tä:
   Vaihteluväli 10 000 000 ja 11 000 000 EUR
   II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: ei
   II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
   Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
   II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
   Kesto (kuukausina): 16 (sopimuksen tekemisestä)
   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
   tiedot
   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
   Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
   III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
   koskeviin määräyksiin:
   Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
   III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
   ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
   III.1.4)Muut erityisehdot
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
   ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Tarjoajayritys täyttää tilaajavastuulain (1233/2006 ja
   muutos 470/2012) mukaiset vaatimukset.
   Vaadittava selvitys: Tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 470/2012)
   mukaiset suomenkieliset todistukset:
   1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
   mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnanta-jarekisteriin sekä
   arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten
   rekisteriin;
   2) kaupparekisteriote;
   3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
   siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
   4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
   suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntynei-tä
   eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä;
   5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
   työehdoista;
   6) tapaturmavakuutustodistus;
   7) todistus työterveyshuollon järjestämisestä tai
   RALA-todistus (kohtien 1-7 sijasta) tai
   Ilmoitus, että yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi- palveluun ja
   kohtien 1-7 mukaiset vaatimukset ovat kunnossa.
   Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta
   vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.
   III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: 1) Selvitys urakoitsijan liikevaihdosta kahdelta
   viimeisimmältä täydeltä tilikaudelta tai muu vastaava selvitys.
   2) Todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.
   3) Selvitys yrityksen luottokelpoisuusluokasta Suomen Asiakastieto Oy:n
   (tai vastaavan luokituslaitoksen) luottokelpoisuusluokituksessa.
   Tarjoaja voi toimittaa arvion luottoluokituksesta myös muilla tavoin
   kuin soveltamalla Rating Alfa-asteikolla, mutta tällöin tarjoajan tulee
   ilmoittaa tarjouksessaan, että mitä Rating Alfa-asteikon luokkaa
   tar-joajan esittämä luottoluokitus vastaa.
   Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta
   vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.
   Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 1)
   Tarjoajayrityksen liikevaihdon keskiarvo kahdelta viimeiseltä täydeltä
   tilikaudelta on vähintään 20 000 000 EUR (20 miljoonaa euroa).
   2) Tarjoajayrityksellä on urakan toiminnan kattava voimassaoleva
   vastuuvakuutus.
   3) Tarjoajayritys kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa
   luotto-kelpoisuusluokituksessa vähintään luokkaan A+ (tyydyttävä+).
   III.2.3)Tekninen suorituskyky
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä:
   1) Selvitys yrityksen valmistuneista referensseistä pääurakoitsijana
   vastaavissa kohteissa Suomessa viideltä viimeiseltä vuodelta
   (rakennusvalvonnan suorittama käyttöönottokatselmus on pidetty
   31.12.2010 jälkeen).
   Vastaavaksi kohteeksi luettavan kohteen tulee täyttää kaikki seuraavat
   ehdot:
   o kohde sijaitsee Suomessa
   o kohde on muun kuin asuin-, liike-, toimisto- tai
   teollisuusrakennuksen (esim. liikuntapaikkarakennus, monitoimitalo,
   koulu, päiväkoti tms.) laajamittainen peruskorjaaminen tai
   uudisrakentaminen.
   o kohteen kerrosala on yhteensä vähintään 3 000 k-m²
   o urakoitsijan on täytynyt toimia hankkeessa pääurakoitsijana ja
   päätoteuttajana ja hankkeen urakkamuoto on ollut kokonaisurakka, jaettu
   urakka, KVR-urakka tai elinkaarimallilla toteutettu urakka:
   2) Selvitys yrityksen käyttämästä laadunvarmistusjärjestelmästä.
   Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
   1) Tarjoajayritys on toteuttanut viiden viimeisen vuoden aikana
   vähintään kolme vastaavaa kohdetta.
   2) Tarjoajayrityksellä on sertifioitu laatujärjestelmä.
   III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
   III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
   lukumäärää koskevat rajoitukset
   IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   Alhaisin hinta
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Ennakkotietoilmoitus
   , 6.11.2015
   IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
   saantia koskevat ehdot
   Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:
   23.2.2016 - 12:00
   Asiakirjat ovat maksullisia: ei
   IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
   23.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
   valituille ehdokkaille
   IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
   osallistumispyynnöt voidaan laatia
   suomi.
   IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
   Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
   IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
   Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
   ei
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
   Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
   VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.3)Lisätiedot
   Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa sähköisessä muodossa
   ilmoituksessa olevan linkin kautta.
   Ilmoituksessa olevan linkin klikkaamisen jälkeen klikkaaja saa
   järjestelmältä sähköpostiviestin, jonka sisältämästä linkistä pääsee
   yhteystiedot kirjaamalla tekemään tarjouspyyntöasiakirjatilauksen.
   Tämän jälkeen tulee uusi sähköpostiviesti, jonka sisältämästä linkistä
   pääsee lataamaan tarjouspyyntöasiakirjat omalle tietokoneelle.
   Huomioitava on, että järjestelmän lähettämät sähköpostit saattavat
   joissakin tapauksissa ohjautua roskapostikansioon.
   Mikäli lataukseen liittyy ongelmia, tulee olla sähköpostitse yhteydessä
   osoitteeseen: [11]helpdesk@sokopro.fi ja samalla saattaa tieto
   ongelmista sähköpostitse osoitteeseen: [12]teemu.haaja@linnan.fi
   Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee
   sähkö-postitse ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 14 vrk ennen
   laskenta-ajan päät-tymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat
   lisäselvitykset tulee rakennuttaja sähköpostitse toimittamaan kootusti
   kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille
   samanaikaisesti sähköisenä aineistona viimeistään 7 vrk ennen
   laskenta-ajan päättymistä. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa
   sitoviksi.
   Tarjoajan tulee toimittaa rakennuttajakonsultille viimeistään 14 vrk
   ennen las-kenta-ajan päättymistä tiedoksi voimassa oleva ja toimiva
   tarjoajan sähköpos-tiosoite.
   Tarjoaja on itse vastuussa, että rakennuttajalla on tiedossa voimassa
   oleva ja toimiva sähköpostiosoite, johon mahdolliset lisäselvitykset
   lähetetään.
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   FI-00520 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [13]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [14]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.4.2)Muutoksenhaku
   VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rohbauarbeiten - FR-Lille
Rohbauarbeiten
Dokument Nr...: 12673-2016 (ID: 2016011509022350438)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FR-Lille: Rohbauarbeiten
   2016/S 10/2016 12673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
   151 avenue du Président Hoover
   Zu Händen von: M. le président
   59555 Lille Cedex
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45223220
   Beschreibung
   Rohbauarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 102 038,76 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SAS Demathieu et bard construction Nord
   ZI de la Pilaterie, rue de la Couture
   59700 Marcq-en-Baroeul
   Telefon: +33 359083610
   Fax: +33 328326754
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 174 212,26 EUR
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Coexia Enveloppe
   Agence Avesnois, 29 rue Charles Sery
   59440 Avesnelles
   Telefon: +33 327611008
   Fax: +33 327610927
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 464 841,75 EUR
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   EPM
   1 avenue Kennedy
   62000 Arras
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 204 019,98 EUR
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Cannata SA
   277 boulevard Henri Martel, BP 14
   62210 Avion
   Telefon: +33 321430119
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 146 020 EUR
   Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Coexia Electric
   ZA La Croisette, 5 rue de l'Abbé Jersy Popieluszko
   62300 Lens
   Telefon: +33 321737235
   Fax: +33 321733500
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 20 922,68 EUR
   Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Coexia Énergies
   5 rue de l'Abbé Popieluszko, ZA la Croisette
   62301 Lens Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 62 049 EUR
   Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Entreprise Veret
   46 rue Jean-Jaurès, BP 5
   62217 Beaurains
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 29 973,09 EUR
References
OT: 15/01/2016    S10    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Lille: Travaux de gros uvre
   2016/S 010-012673
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
   151 avenue du Président Hoover
   À l'attention de: M. le président
   59555 Lille Cedex
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: 800 rue Léon Blum, 62251 Henin Beaumont
   Code NUTS FR3
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Réalisation de travaux patrimoniaux Lycée Louis Pasteur à Henin
   Beaumont (bassin nº 11).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45223220
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 1 102 038,76 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestations. Pondération 70
   2. Valeur technique. Pondération 20
   3. Valeur technique: méthodologie d'organisation du chantier.
   Pondération 5
   4. Valeur technique: qualité, durabilité et fiabilité des matériaux.
   Pondération 5
   5. Valeur technique: procédure d'autocontrôle. Pondération 5
   6. Valeur technique: modalités de mise en uvre des opérations
   postérieures à la réception du bâtiment. Pondération 5
   7. Performances en matière de protection de l'environnement pour
   atteindre les cibles H.Q.E. visées au marché. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 157-287719 du 15.8.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Marché 152991
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SAS Demathieu et bard construction Nord
   ZI de la Pilaterie, rue de la Couture
   59700 Marcq-en-Baroeul
   Téléphone: +33 359083610
   Fax: +33 328326754
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 174 212,26 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 2 - Intitulé: Marché 152992
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Coexia Enveloppe
   Agence Avesnois, 29 rue Charles Sery
   59440 Avesnelles
   Téléphone: +33 327611008
   Fax: +33 327610927
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 464 841,75 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 3 - Intitulé: Marché 152993
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 6
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   EPM
   1 avenue Kennedy
   62000 Arras
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 204 019,98 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 4 - Intitulé: Marché 152994
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Cannata SA
   277 boulevard Henri Martel, BP 14
   62210 Avion
   Téléphone: +33 321430119
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 146 020 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 6 - Intitulé: Marché 152995
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Coexia Electric
   ZA La Croisette, 5 rue de l'Abbé Jersy Popieluszko
   62300 Lens
   Téléphone: +33 321737235
   Fax: +33 321733500
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 20 922,68 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 7 - Intitulé: Marché 152996
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Coexia Énergies
   5 rue de l'Abbé Popieluszko, ZA la Croisette
   62301 Lens Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 62 049 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Lot nº: 8 - Intitulé: Marché 152997
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Entreprise Veret
   46 rue Jean-Jaurès, BP 5
   62217 Beaurains
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 29 973,09 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Lot 5: déclaré sans suite. Le présent avis vaut publicité de la
   conclusion du ou des contrat(s). Conformément aux dispositions de la
   loi nº 78.753 du 17.7.1978 modifiée, le ou les contrat(s) pourront être
   communiqués sur simple demande adressée à la direction des achats et de
   la Commande Publique ou consultés sur place sur rendez-vous.
   Information sur les fonds de l'Union européenne: non
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Lille
   143 rue Jacquemars Giélée
   59000 Lille
   E-mail: [7]greffe.ta-lille@juradm.fr
   Téléphone: +33 320631300
   Adresse internet: [8]http://lille.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 320631347
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Les
   candidats évincés peuvent introduire:  un référé contractuel dans un
   délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution
   au journal officiel de l'Union européenne conformément aux dispositions
   de l'article R551.7 du code de justice administrative.  un recours
   pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de leur candidature
   ou de leur offre, ou contre les actes détachables du marché dans un
   délai de 2 mois suivant notification ou publication de la décision
   attaquée conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de
   justice administrative.  un recours de plein contentieux contestant la
   validité du marché ou de certaines de ces clauses qui en sont
   divisibles, dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de publicité de
   la conclusion du marché. Le code de justice administrative est
   consultable sur le site: [9]www.legifrance.gouv.fr Pour plus
   d'information, s'adresser au greffe du tribunal administratif de Lille.
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reagentien und Kontrastmittel - RO-Cluj-Napoca
Reagentien und Kontrastmittel
Dokument Nr...: 1273-2016 (ID: 2016010509022738596)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  RO-Cluj-Napoca: Reagentien und Kontrastmittel
   2016/S 2/2016 1273
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Str. Clinicilor nr. 3-5, Zu
   Händen von: Paul Risnita, Cluj-Napoca 400006, RUMÄNIEN. Telefon: +40
   264592771. Fax: +40 264590235. E-Mail: aprovizionare@scj-cj.rdscj.ro
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 21.11.2015, [1]2015/S
   226-411074)
   Betr.:
   CPV:33696000
   Reagentien und Kontrastmittel
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 31.12.2015 se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411074-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 05/01/2016    S2    - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Cluj-Napoca: Reactivi i produse de contrast
   2016/S 002-001273
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Str. Clinicilor nr. 3-5, În
   atenia: Paul Risnita, Cluj-Napoca 400006, ROMÂNIA. Telefon: +40
   264592771. Fax: +40 264590235. E-mail: aprovizionare@scj-cj.rdscj.ro
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 21.11.2015,
   [1]2015/S 226-411074)
   În ceea ce privete:
   CPV:33696000
   Reactivi i produse de contrast
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 31.12.2015 se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Glühbirnen - RO-Bucuresti
Glühbirnen
Dokument Nr...: 12773-2016 (ID: 2016011509030850548)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  RO-Bucuresti: Glühbirnen
   2016/S 10/2016 12773
   Administratia Strazilor Bucuresti, Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1,
   Zu Händen von: Carmen Tircovnicu , Bucuresti 010941, RUMÄNIEN. Telefon:
   +40 213138170. Fax: +40 213138170. E-Mail: admstrpmb@aspmb.ro
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 1.12.2015, [1]2015/S
   232-421405)
   Betr.:
   CPV:31531000
   Glühbirnen
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 12.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421405-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 15/01/2016    S10    - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Bucuresti: Becuri
   2016/S 010-012773
   Administratia Strazilor Bucuresti, Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1,
   În atenia: Carmen Tircovnicu , Bucuresti 010941, ROMÂNIA. Telefon: +40
   213138170. Fax: +40 213138170. E-mail: admstrpmb@aspmb.ro
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 1.12.2015,
   [1]2015/S 232-421405)
   În ceea ce privete:
   CPV:31531000
   Becuri
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 12.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Softwarepaket für das Beschaffungswesen - NL-Nimwegen
Softwarepaket für das Beschaffungswesen
Dokument Nr...: 12873-2016 (ID: 2016011509040550653)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  NL-Nimwegen: Softwarepaket für das Beschaffungswesen
   2016/S 10/2016 12873
   Vorinformation
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Radboud Universitair Medisch Centrum
   221778972
   Geert Grooteplein-Zuid 10
   Zu Händen von: Milou van Teeffelen
   6525 GA Nijmegen
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 243092751
   E-Mail: [3]milou.vanteeffelen@radboudumc.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]http://www.radboudumc.nl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   48490000
   Beschreibung
   Softwarepaket für das Beschaffungswesen .
References
   3. mailto:milou.vanteeffelen@radboudumc.nl?subject=TED
   4. http://www.radboudumc.nl/
OT: 15/01/2016    S10    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep
   tot mededinging - Niet van toepassing
   Nederland-Nijmegen: Aankoopsoftware
   2016/S 010-012873
   Vooraankondiging
   Leveringen
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Radboud Universitair Medisch Centrum
   221778972
   Geert Grooteplein-Zuid 10
   Ter attentie van: Milou van Teeffelen
   6525 GA Nijmegen
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 243092751
   E-mail: [5]milou.vanteeffelen@radboudumc.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [6]http://www.radboudumc.nl
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
   adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Publiekrechtelijke instelling
   I.3)Hoofdactiviteit
   Gezondheid
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)
   II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   Marktconsultatie online leeromgeving.
   II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
   Leveringen
   Nijmegen.
   NUTS-code NL
   II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
   II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van
   de leveringen of de diensten:
   Marktconsultatie in voorbereiding op een aanbesteding voor de aanschaf
   van een online leeromgeving.
   Percelen
   Verdeling in percelen: neen
   II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   48490000
   II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
   II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.8)Nadere inlichtingen:
   Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
   inlichtingen
   III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
   III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
   verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
   III.2)Voorwaarden voor deelneming
   III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Netzausrüstung - FR-Neuilly-sur-Marne
Netzausrüstung
Ausrüstung für Telefonnetze
Computerbezogene Geräte
Dokument Nr...: 12973-2016 (ID: 2016011509051250749)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FR-Neuilly-sur-Marne: Netzausrüstung
   2016/S 10/2016 12973
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   EPS de Ville-Evrard
   DAHL  cellule des marchés
   Zu Händen von: Mme Pierson Antoinette, adjoint des cadres
   93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 143093422
   E-Mail: [4]a.pierson@epsve.fr
   Fax: +33 143093034
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
   6_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: EPS
   le dossier de consultation est téléchargeable à l'aide du lien https
   figurant au profil acheteur. Il peut également etre transmis au
   candidat qui en fait la demande par mail, télécopie ou courrier
   Nsm
   E-Mail: [6]a.pierson@epsve.fr
   Fax: +33 143093034
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32420000, 32429000, 30230000
   Beschreibung
   Netzausrüstung.
   Ausrüstung für Telefonnetze.
   Computerbezogene Geräte.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   23.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:a.pierson@epsve.fr?subject=TED
   5. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
   6. mailto:a.pierson@epsve.fr?subject=TED
OT: 15/01/2016    S10    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Neuilly-sur-Marne: Matériel de réseau
   2016/S 010-012973
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   EPS de Ville-Evrard
   DAHL  cellule des marchés
   À l'attention de: Mme Pierson Antoinette, adjoint des cadres
   93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 143093422
   E-mail: [6]a.pierson@epsve.fr
   Fax: +33 143093034
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [7]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
   6_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: EPS
   le dossier de consultation est téléchargeable à l'aide du lien https
   figurant au profil acheteur. Il peut également etre transmis au
   candidat qui en fait la demande par mail, télécopie ou courrier
   Nsm
   E-mail: [8]a.pierson@epsve.fr
   Fax: +33 143093034
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: Établissement public
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Matériels «Réseau» , de sécurité et de téléphonie sur IP.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   Durée de laccord-cadre
   Durée en années: 4
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Matériels «Réseau» , de sécurité et de téléphonie sur IP.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   32420000, 32429000, 30230000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
   descriptif
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   VE/DAHL 7/2016
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   23.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   206 rue de Paris
   93100 Montreuil-sous-Bois
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Operationstechnik - IT-Florenz
Operationstechnik
Dokument Nr...: 13073-2016 (ID: 2016011509055850845)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  IT-Florenz: Operationstechnik
   2016/S 10/2016 13073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ESTAR Ente Supporto Tecnico e Ammministrativo Regionale
   Via San Salvi 12
   Zu Händen von: dr.ssa Marina Anemone
   50138 Firenze
   ITALIEN
   Telefon: +49 0577769438
   E-Mail: [4]m.anemone@estar.toscana.it
   Fax: +49 0577769912
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.estar.toscana.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33160000
   Beschreibung
   Operationstechnik.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 386 400 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Urology Diagnostic
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 441 600 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 386 400 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 3
References
   4. mailto:m.anemone@estar.toscana.it?subject=TED
   5. http://www.estar.toscana.it/
OT: 15/01/2016    S10    - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
   Procedura aperta
   Italia-Firenze: Tecnica operatoria
   2016/S 010-013073
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Forniture
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   ESTAR Ente Supporto Tecnico e Ammministrativo Regionale
   Via San Salvi 12
   All'attenzione di: dr.ssa Marina Anemone
   50138 Firenze
   ITALIA
   Telefono: +49 0577769438
   Posta elettronica: [6]m.anemone@estar.toscana.it
   Fax: +49 0577769912
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.estar.toscana.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Altro: Servizio Sanitario Regionale
   I.3)Principali settori di attività
   Salute
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: sì
   USL 8 di Arezzo
   Via Curtatone 53
   Arezzo
   ITALIA
   USL 9 Grosseto
   Via Cimabue 103
   Grosseto
   ITALIA
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per l'affidamento del
   servizio di litotripsia extracorporea da eseguire presso le ex Aziende
   USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto ora Azienda USL Toscana Sud Est.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Forniture
   Noleggio
   Codice NUTS ITE1
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per l'affidamento del
   servizio di litotripsia extracorporea da eseguire presso le ex Aziende
   USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto ora Azienda USL Toscana Sud Est.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   33160000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 386 400 EUR
   IVA esclusa
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
   1. Qualità. Ponderazione 70
   2. Prezzo. Ponderazione 30
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2014/S 201-355134 del 18.10.2014
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità
   telematica, per l'affidamento del servizio di litotripsia extracorporea
   da eseguire presso le ex Aziende USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto
   ora Azienda USL Toscana Sud Est
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   11.1.2016
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 4
   Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Urology Diagnostic
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
   Valore: 441 600 EUR
   IVA esclusa
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 386 400 EUR
   IVA esclusa
   Nel caso di un valore annuale o mensile:
   Numero di anni: 3
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Tomografie - RO-Fetesti
Ausrüstung für Tomografie
Installation von bildgebenden Geräten
Ausbildung im medizinischen Bereich
Dokument Nr...: 13173-2016 (ID: 2016011509070150935)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  RO-Fetesti: Ausrüstung für Tomografie
   2016/S 10/2016 13173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti
   Str. Calarasi nr. 549
   Zu Händen von: Radulescu Valentin
   925150 Fetesti
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 243361905
   E-Mail: [4]achizitii@spitalfetesti.ro
   Fax: +40 243361902
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spitalfetesti.ro
   Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33115000, 51411000, 80320000
   Beschreibung
   Ausrüstung für Tomografie.
   Installation von bildgebenden Geräten.
   Ausbildung im medizinischen Bereich.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 700 000 RON
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 02
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Siemens SRL
   B-dul Preciziei nr. 24, imobil H3, et. 3-5
   060011 Bucuresti
   RUMÄNIEN
   E-Mail:
   [7]vasile.cristea@siemens.com, [8]dana.david@siemens.com, [9]mirel.vele
   a@siemens.com, [10]mona.musat@siemens.com, [11]nicolae.miscoci@siemens.
   com, [12]valentin.pavel@siemens.com, [13]radu.leocovici@siemens.com, [1
   4]cristina.codescu@siemens.com, [15]ciprian.dumitrascu@siemens.com, [16
   ]octavian.popescu@siemens.com, [17]florin.niculescu@siemens.com, [18]pe
   trisor.visan@siemens.com, [19]corneliu.cristea@siemens.com, [20]ovidiu.
   miron@siemens.com, [21]ciceroni.murarescu@siemens.com, [22]laurentiu.fr
   umuselu@siemens.com
   Telefon: +40 216296401
   Internet-Adresse: [23]www.siemens.com
   Fax: +40 216296552
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 764 000 RON
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 700 000 RON
   ohne MwSt
References
   4. mailto:achizitii@spitalfetesti.ro?subject=TED
   5. http://www.spitalfetesti.ro/
   6. http://www.e-licitatie.ro/
   7. mailto:vasile.cristea@siemens.com?subject=TED
   8. mailto:dana.david@siemens.com?subject=TED
   9. mailto:mirel.velea@siemens.com?subject=TED
  10. mailto:mona.musat@siemens.com?subject=TED
  11. mailto:nicolae.miscoci@siemens.com?subject=TED
  12. mailto:valentin.pavel@siemens.com?subject=TED
  13. mailto:radu.leocovici@siemens.com?subject=TED
  14. mailto:cristina.codescu@siemens.com?subject=TED
  15. mailto:ciprian.dumitrascu@siemens.com?subject=TED
  16. mailto:octavian.popescu@siemens.com?subject=TED
  17. mailto:florin.niculescu@siemens.com?subject=TED
  18. mailto:petrisor.visan@siemens.com?subject=TED
  19. mailto:corneliu.cristea@siemens.com?subject=TED
  20. mailto:ovidiu.miron@siemens.com?subject=TED
  21. mailto:ciceroni.murarescu@siemens.com?subject=TED
  22. mailto:laurentiu.frumuselu@siemens.com?subject=TED
  23. http://www.siemens.com/
OT: 15/01/2016    S10    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
   deschis
   România-Fetesti: Aparate de tomografie
   2016/S 010-013173
   Anun de atribuire a contractului
   Produse
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti
   Str. Calarasi nr. 549
   În atenia: Radulescu Valentin
   925150 Fetesti
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 243361905
   E-mail: [6]achizitii@spitalfetesti.ro
   Fax: +40 243361902
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa general a autoritii contractante: [7]www.spitalfetesti.ro
   Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Altele: unitate sanitara cu paturi (spital)
   I.3)Activitate principal
   Sntate
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului
   Achizitie echipament de tomografie computerizata multislice cu sistem
   de postprocesare
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Produse
   Cumprare
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Sediul institutiei, Str. Calarasi nr. 549, mun. Fetesti, jud. Ialomita.
   Cod NUTS RO315
   II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
   dinamic (SAD)
   Anunul implic încheierea unui acord-cadru
   II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   Achizitie echipament de tomografie computerizata multislice cu sistem
   de postprocesare  furnizare, montare si punere in functiune si
   instruirea personalului utilizator.
   II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   33115000, 51411000, 80320000
   II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): da
   II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   Valoare: 1 700 000 RON
   Fr TVA
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Deschis
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   S-a organizat o licitaie electronic: nu
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   Anun de participare
   Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 208-377268 din 27.10.2015
   Seciunea V: Atribuirea contractului
   Contract nr: 02 Denumire: Acord-cadru furnizare echipament de
   tomografie computerizata multislice cu sistem de postprocesare
   V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
   5.1.2016
   V.2)Informaii privind ofertele
   Numrul de oferte primite: 1
   V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
   o decizie de atribuire a contractului
   Siemens SRL
   B-dul Preciziei nr. 24, imobil H3, et. 3-5
   060011 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail:
   [10]vasile.cristea@siemens.com, [11]dana.david@siemens.com, [12]mirel.v
   elea@siemens.com, [13]mona.musat@siemens.com, [14]nicolae.miscoci@sieme
   ns.com, [15]valentin.pavel@siemens.com, [16]radu.leocovici@siemens.com,
    [17]cristina.codescu@siemens.com, [18]ciprian.dumitrascu@siemens.com,
   [19]octavian.popescu@siemens.com, [20]florin.niculescu@siemens.com, [21
   ]petrisor.visan@siemens.com, [22]corneliu.cristea@siemens.com, [23]ovid
   iu.miron@siemens.com, [24]ciceroni.murarescu@siemens.com, [25]laurentiu
   .frumuselu@siemens.com
   Telefon: +40 216296401
   Adres Internet: [26]www.siemens.com
   Fax: +40 216296552
   V.4)Informaii privind valoarea contractului
   Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
   Valoare: 1 764 000 RON
   Fr TVA
   Valoarea total final a contractului:
   Valoare: 1 700 000 RON
   Fr TVA
   V.5)Informaii privind subcontractarea
   Este posibil subcontractarea: da
   Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor
   teri:
   Procent: 10 %
   Descriere succint a valorii/procentului din contract care urmeaz s
   fie subcontractat: Ofertantul declara faptul ca va subcontracta parti
   din acordul-cadru dupa cum urmeaza:
   1. partea de livrare, transport, instalare, punere in functiune,
   instruire personal beneficiar si service in perioada de garantie,
   injector automat cu 2 capete (2 buc.). Valoarea declarata este de 104
   990 RON fara TVA;
   2. partea de lucrari de amenajare spatiu echipament (2 spatii).
   Valoarea declarata este de 66 400 RON fara TVA.
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: nu
   VI.2)Informaii suplimentare:
   In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe
   primul loc au preturi egale, in vederea departajarii si stabilirii
   ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor
   economici, prin intermediul SEAP incarcarea unor documente continand
   noi propuneri financiare. Stabilirea ofertei castigatoare se va face
   utilizand criteriul pretul cel mai scazut. Operatorii economici
   elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din Documentatia de
   atribuire si vor indica in cuprinsul acesteia care informatii din
   Propunerea tehnica si/sau din Propunerea financiara sunt confidentiale,
   clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
   Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP,
   operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
   fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe
   site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
   VI.3)Ci de atac
   VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [27]office@cnsc.ro
   Telefon: +40 213104641
   Adres Internet: [28]http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / 218900745
   VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
   VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti  Biroul Juridic
   Str. Calarasi nr. 549
   925150 Fetesti
   ROMÂNIA
   E-mail: [29]achizitii@spitalfetesti.ro
   Telefon: +40 243361905
   Adres Internet: [30]www.spitalfetesti.ro
   Fax: +40 243361902
   VI.4)Data expedierii prezentului anun:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Medizinische Geräte - HU-Budapest
Medizinische Geräte
Röntgengeräte
Ausrüstung für Tomografie
Ausrüstung für Digital-Angiografie
Überwachungsstation
Monitoren
Elektrokardiografen
Ophtalmologische Geräte
System zur ambulanten Langzeitaufzeichnung
Chirurgie-Laser
Operationstische
Ausrüstung für die Unterstützung der Herzfunktionen
Defibrillator
Endoskopen
Ausrüstung für Sauerstofftherapie und Beatmungsgeräte
Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
Ausrüstung für Anästhesie
Instrumente für Anästhesie und Reanimation
Funktionsunterstützung
Ausrüstung und Instrumente für Infusion
Krankenhausbetten
Motorisierte Betten
Medizinische Tische
Untersuchungstische
Möbel für ärztliche Zwecke, außer Betten und Tischen
Sterilisationsapparate
Chirurgische Instrumente
Deckenleuchten und Zubehör
Elektrochirurgieanlage
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Dokument Nr...: 13273-2016 (ID: 2016011509075651040)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  HU-Budapest: Medizinische Geräte
   2016/S 10/2016 13273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Állami Egészségügyi Ellátó Központ
   AK15794
   Diós árok 3.
   Zu Händen von: dr. Izsák Anita
   1125 Budapest
   UNGARN
   Telefon: +36 13561522
   E-Mail: [4]izsak.anita@aeek.hu
   Fax: +36 13757253
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.aeek.hu
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33100000, 33111000, 33115000, 33111721, 33195200, 33195100, 33123200,
   33122000, 33121000, 33169100, 33192230, 33182000, 33182100, 33168100,
   33157000, 33157400, 33172100, 33171000, 33180000, 33194100, 33192120,
   33192130, 33192200, 33192210, 33192300, 33191100, 33169000, 31524100,
   33161000, 39000000
   Beschreibung
   Medizinische Geräte.
   Röntgengeräte.
   Ausrüstung für Tomografie.
   Ausrüstung für Digital-Angiografie.
   Überwachungsstation.
   Monitoren.
   Elektrokardiografen.
   Ophtalmologische Geräte.
   System zur ambulanten Langzeitaufzeichnung.
   Chirurgie-Laser.
   Operationstische.
   Ausrüstung für die Unterstützung der Herzfunktionen.
   Defibrillator.
   Endoskopen.
   Ausrüstung für Sauerstofftherapie und Beatmungsgeräte.
   Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke.
   Ausrüstung für Anästhesie.
   Instrumente für Anästhesie und Reanimation.
   Funktionsunterstützung.
   Ausrüstung und Instrumente für Infusion.
   Krankenhausbetten.
   Motorisierte Betten.
   Medizinische Tische.
   Untersuchungstische.
   Möbel für ärztliche Zwecke, außer Betten und Tischen.
   Sterilisationsapparate.
   Chirurgische Instrumente.
   Deckenleuchten und Zubehör.
   Elektrochirurgieanlage.
   Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen
   Beleuchtung) und Reinigungsmittel.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 115 953 993 HUF
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
   Részvénytársaság
   Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
   1142 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [6]info@medirex.hu
   Telefon: +36 14444400
   Fax: +36 14444401
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 240 000 000 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
   Részvénytársaság
   Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
   1142 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [7]info@medirex.hu
   Telefon: +36 14444400
   Fax: +36 14444401
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 66 445 000 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Premier G. Med Kft.
   Hidász u. 1.
   1026 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [8]premiergmed@premeiergmed.hu
   Telefon: +36 13914030
   Fax: +36 13980687
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 185 000 000 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország Zrt.,
   konzorciumi tag: Medirex Zrt.
   Budafoki út 56. és Erzsébet királyné útja 98/B.
   1117 és 1142 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [9]czipri.erno@t-systems.hu, [10]infor@medirex.hu
   Telefon: +36 14521400 / 14444400
   Fax: +36 14521297 / 14444401
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 99 982 100 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hoge Orvosi Mszer Kft.
   Szlkert u. 7.
   1033 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [11]vallallkozas@hoge.hu
   Telefon: +36 12505162
   Fax: +36 12503963
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 262 872 551 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Mediszer Kft.
   Bécsi út 267.
   1037 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [12]info@mediszer.hu
   Telefon: +36 14530615
   Fax: +36 14530616
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 49 489 000 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aladdin Medical Kft.
   Paragvári út 15.
   9700 Szombathely
   UNGARN
   E-Mail: [13]aladdin@aladdin-medical.hu
   Telefon: +36 94513020
   Fax: +36 94513027
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 39 354 500 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medys Internationale Zrt.
   Zápor u. 2/c.
   1034 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [14]rdori@medys.hu
   Telefon: +36 13480570
   Fax: +36 13480569
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 97 662 031 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Steelco Hungary Kft.
   Temesvár u. 1921.
   1116 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [15]steelco@t-online.hu
   Telefon: +36 13710257
   Fax: +36 13710258
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 426 246 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Artmed Kft.
   Viza u. 7/c.
   1138 Budapest
   UNGARN
   E-Mail: [16]artmed@artmed.hu
   Telefon: +36 14380698
   Fax: +36 13150330
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 57 722 565 HUF
   ohne MwSt
References
   4. mailto:izsak.anita@aeek.hu?subject=TED
   5. http://www.aeek.hu/
   6. mailto:info@medirex.hu?subject=TED
   7. mailto:info@medirex.hu?subject=TED
   8. mailto:premiergmed@premeiergmed.hu?subject=TED
   9. mailto:czipri.erno@t-systems.hu?subject=TED
  10. mailto:infor@medirex.hu?subject=TED
  11. mailto:vallallkozas@hoge.hu?subject=TED
  12. mailto:info@mediszer.hu?subject=TED
  13. mailto:aladdin@aladdin-medical.hu?subject=TED
  14. mailto:rdori@medys.hu?subject=TED
  15. mailto:steelco@t-online.hu?subject=TED
  16. mailto:artmed@artmed.hu?subject=TED
OT: 15/01/2016    S10    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás
   eredményérl - Nyílt eljárás
   Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
   2016/S 010-013273
   Tájékoztató az eljárás eredményérl
   Árubeszerzés
   2004/18/EK irányelv
   I. szakasz: Ajánlatkér
   I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
   Állami Egészségügyi Ellátó Központ
   AK15794
   Diós árok 3.
   Címzett: dr. Izsák Anita
   1125 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 13561522
   E-mail: [6]izsak.anita@aeek.hu
   Fax: +36 13757253
   Internetcím(ek):
   Az ajánlatkér általános címe: [7]www.aeek.hu
   I.2)Az ajánlatkér típusa
   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
   regionális vagy helyi részlegeik
   I.3)F tevékenység
   Egészségügy
   I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
   Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
   Zala Megyei Kórház
   Zrínyi u. 1.
   8900 Zalaegerszeg
   MAGYARORSZÁG
   II. szakasz: A szerzdés tárgya
   II.1)Meghatározás
   II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
   Orvostechnikai eszközök, gép-mszerek, mobíliák, bútorok beszerzésére
   vonatkozó adásvételi szerzdés a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia
   és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala
   Megyei Kórházban projekt keretei között és a Társadalmi Infrastruktúra
   Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c.
   kiemelt projekt, amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1 keretei között.
   II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   A teljesítés helye: A teljesítés helye: Zala Megyei Kórház, 8900
   Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
   NUTS-kód HU233
   II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
   vonatkozó információk
   II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
   TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia és Szívsebészeti Centrum
   kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban
   projekt keretei és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
   Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt,
   amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1 keretei között. orvostechnikai
   eszközök, gép-mszerek, mobíliák, bútorok beszerzése 10 részben.
   Adásvételi szerzdés teljesítése során a beszerzésre kerül orvosi
   gép-mszerek és tartozékaik szállítása, összeszerelése, telepítési
   feladatok elvégzése, informatikai illesztés elvégzése. Az eszközök
   beüzemelése, a kezelszemélyzet betanításának elvégzése, próbaüzem
   elvégzése, valamint a garanciális és jótállási feladatok ellátása.
   II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
   33100000, 33111000, 33115000, 33111721, 33195200, 33195100, 33123200,
   33122000, 33121000, 33169100, 33192230, 33182000, 33182100, 33168100,
   33157000, 33157400, 33172100, 33171000, 33180000, 33194100, 33192120,
   33192130, 33192200, 33192210, 33192300, 33191100, 33169000, 31524100,
   33161000, 39000000
   II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
   A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
   nem
   II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   Érték: 1 115 953 993 HUF
   Áfa nélkül
   IV. szakasz: Eljárás
   IV.1)Az eljárás fajtája
   IV.1.1)Az eljárás fajtája
   Nyílt
   IV.2)Bírálati szempontok
   IV.2.1)Bírálati szempontok
   Az összességében legelnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
   1. 1. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 264
   2. 1. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
   teljesítése. Súlyszám 60
   3. 1. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 6
   4. 2. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 264
   5. 2. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
   teljesítése. Súlyszám 58
   6. 2. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 8
   7. 3. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 176
   8. 3. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
   teljesítése. Súlyszám 37
   9. 3. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 7
   10. 4. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 184
   11. 4. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
   elvárások teljesítése. Súlyszám 41
   12. 4. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 5
   13. 5. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 72
   14. 5. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
   elvárások teljesítése. Súlyszám 16
   15. 5. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 2
   16. 6. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 10
   17. 6. rész: 2. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 2
   18. 7. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 12
   19. 7. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
   elvárások teljesítése. Súlyszám 2
   20. 7. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 1
   21. 8. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 36
   22. 8. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
   elvárások teljesítése. Súlyszám 7
   23. 8. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 2
   24. 9. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 20
   25. 9. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
   elvárások teljesítése. Súlyszám 4
   26. 9. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
   Súlyszám 1
   27. 10. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
   ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 20
   28. 10. rész: 2. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap).
   Súlyszám 5
   IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
   Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
   IV.3)Adminisztratív információk
   IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
   IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
   Ajánlati/részvételi felhívás
   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 090-161259 9.5.2015
   V. szakasz: Az eljárás eredménye
   A szerzdés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: CT berendezés
   szállítása
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 1
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
   Részvénytársaság
   Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
   1142 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [9]info@medirex.hu
   Telefon: +36 14444400
   Fax: +36 14444401
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 240 000 000 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 1 Rész száma: 5 - Elnevezés: Intenzív ellátás
   eszközei
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 1
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
   Részvénytársaság
   Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
   1142 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [10]info@medirex.hu
   Telefon: +36 14444400
   Fax: +36 14444401
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 66 445 000 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: Haemodinamikai
   berendezés
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 1
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Premier G. Med Kft.
   Hidász u. 1.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [11]premiergmed@premeiergmed.hu
   Telefon: +36 13914030
   Fax: +36 13980687
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 185 000 000 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: Diagnosztikai
   berendezés szállítása
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország Zrt.,
   konzorciumi tag: Medirex Zrt.
   Budafoki út 56. és Erzsébet királyné útja 98/B.
   1117 és 1142 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [12]czipri.erno@t-systems.hu, [13]infor@medirex.hu
   Telefon: +36 14521400 / 14444400
   Fax: +36 14521297 / 14444401
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 99 982 100 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 4 Rész száma: 4 - Elnevezés: Mtfelszerelés és
   sterilizáló berendezések
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Hoge Orvosi Mszer Kft.
   Szlkert u. 7.
   1033 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [14]vallallkozas@hoge.hu
   Telefon: +36 12505162
   Fax: +36 12503963
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 262 872 551 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 5 Rész száma: 6 - Elnevezés: Szívsebészeti eszközök
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Mediszer Kft.
   Bécsi út 267.
   1037 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [15]info@mediszer.hu
   Telefon: +36 14530615
   Fax: +36 14530616
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 49 489 000 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 6 Rész száma: 7 - Elnevezés: Szemészeti mszerek
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Aladdin Medical Kft.
   Paragvári út 15.
   9700 Szombathely
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [16]aladdin@aladdin-medical.hu
   Telefon: +36 94513020
   Fax: +36 94513027
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 39 354 500 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 7 Rész száma: 8 - Elnevezés: Orvosi bútorok
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 5
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Medys Internationale Zrt.
   Zápor u. 2/c.
   1034 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [17]rdori@medys.hu
   Telefon: +36 13480570
   Fax: +36 13480569
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 97 662 031 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   A szerzdés száma: 8 Rész száma: 9 - Elnevezés: Ápolási és
   rehabilitációs eszközök
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 3
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Steelco Hungary Kft.
   Temesvár u. 1921.
   1116 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [18]steelco@t-online.hu
   Telefon: +36 13710257
   Fax: +36 13710258
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 17 426 246 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 9 Rész száma: 10 - Elnevezés: Bútorok
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   18.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 1
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   Artmed Kft.
   Viza u. 7/c.
   1138 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [19]artmed@artmed.hu
   Telefon: +36 14380698
   Fax: +36 13150330
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 57 722 565 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
   bevonása 10 % alatt.
   VI. szakasz: Kiegészít információk
   VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
   programmal kapcsolatos: igen
   Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
   TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia és Szívsebészeti Centrum
   kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban
   projekt, és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
   Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt,
   amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1.
   VI.2)További információk:
   Nyertes ajánlattevk:
   1. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
   Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép., Magyarország):
   kisvállalkozás;
   2. rész: Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.,
   Magyarország): kisvállalkozás;
   3. rész: Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország
   Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56., Magyarország): nem tartozik a
   Kktv. hatálya alá, konzorciumi tag: Medirex Zrt. (1142. Budapest,
   Erzsébet királyné útja 98/B. ép., Magyarország): kisvállalkozás;
   4. rész: Hoge Orvosi Mszer Kft. (1033 Budapest, Szlkert. u. 7.,
   Magyarország): kisvállalkozás;
   5. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
   Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép., Magyarország):
   kisvállalkozás;
   6. rész: Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267., Magyarország):
   mikrovállalkozás;
   7. rész: Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.,
   Magyarország): kisvállalkozás;
   8. rész: Medys Internationale Zrt. (1034 Budapest, Zápor u. 2/c.,
   Magyarország): mikrovállalkozás;
   9. rész: Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 1921.,
   Magyarország): mikrovállalkozás;
   10. rész: Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/c., Magyarország):
   kisvállalkozás.
   Ajánlattevk:
   1. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
   Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.);
   2. rész: Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.);
   3. rész:
    VMD Kórházi Technológiai Zrt. (2400 Dunaújváros, Petfi Sándor u.
   63.),
    közös ajánlattevk: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest,
   Budafoki út 56.) konzorciumvezet és Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi
   és Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B. ép.)
   konzorciumi tag;
   4. rész:
    Hoge Orvosi Mszer Kft. (1033 Budapest, Szlkert u. 7.),
    közös ajánlattevk: Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft.
   (8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.) konzorciumvezet és TS Labor
   Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila u. 126.)
   konzorciumi tag;
   5. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
   Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.);
   6. rész:
    Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
   Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.),
    Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.);
   7. rész:
    Medicontur Orvostechnikai Kft. (2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.),
    Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.);
   8. rész:
    VMD Kórházi Technológiai Zrt. (2400 Dunaújváros, Petfi Sándor u.
   63.),
    Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9300 Csorna,
   Soproni út 125.),
    PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.),
    Rextra Kft. (1031 Budapest, Emd u. 38.),
    Medys Internationale Zrt. (1034 Budapest, Zápor u. 2/c.);
   9. rész:
    Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 1921.),
    Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 4749.),
    Deflormed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Szugló u.
   154. fszt.101.);
   10. rész: Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/c.).
   Az eljárásban az összegezés javításra került, mivel a 4. rész is
   értékelésre került a felfüggesztés megszüntetését követen, valamint az
   összegezés módosításra is került, mivel a 7. sz. rész vonatkozásában
   elzetes vitarendezést kezdeményeztek, amelynek ajánlatkér helyt
   adott.
   VI.3)Jogorvoslati eljárás
   VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [20]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828594
   Fax: +36 18828593
   VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
   következ szervtl szerezhet be
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [21]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828594
   Fax: +36 18828593
   VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung - FR-Paris
Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
Taucherschiffe
Kleinboote
Dokument Nr...: 13373-2016 (ID: 2016011509090351135)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FR-Paris: Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
   2016/S 10/2016 13373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
   Sicherheit
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2009/81/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   DGA/SCA
   Ministère de la défense  direction générale de l'armement  direction
   des opérations  service centralisé des achats  60 boulevard du
   Général Martial Valin  CS 21623
   Kontaktstelle(n): Bruno Chatelain
   Zu Händen von: M. l'adjoint au chef du service centralisé des achats
   75509 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   E-Mail: [4]bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34512000, 34513350, 34522300
   Beschreibung
   Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder
   Güterbeförderung .
   Taucherschiffe .
   Kleinboote .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Chantier Naval P. Glehen et Fils
   Terre-plein du Port
   29730 Le Guilvinec
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 242 223,16 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 15/01/2016    S10    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure négociée
   France-Paris: Navires et bâtiments similaires servant au transport de
   personnes ou de marchandises
   2016/S 010-013373
   Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
   défense et de la sécurité
   Fournitures
   Directive 2009/81/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   DGA/SCA
   Ministère de la défense  direction générale de l'armement  direction
   des opérations  service centralisé des achats  60 boulevard du
   Général Martial Valin  CS 21623
   Point(s) de contact: Bruno Chatelain
   À l'attention de: M. l'adjoint au chef du service centralisé des achats
   75509 Paris Cedex 15
   FRANCE
   E-mail: [6]bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture d'une Embarcation d'instruction à l'hélitreuillage (EIH)
   destinée à la Marine nationale et réalisation de prestations associées.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS FR522
   II.1.3)Information sur laccord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Le marché consiste à fournir une embarcation d'instruction à
   l'hélitreuillage (EIH).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   34512000, 34513350, 34522300
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Négociée avec publication d'un avis de marché
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique de l'offre. Pondération 47
   2. Prix total de l'offre. Pondération 43
   3. Valeur de l'organisation proposée en matière de management et
   d'assurance qualité. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2014 90 0004 00 00 00 00
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: 2014 90 0004 00 00 00 00
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.2.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Chantier Naval P. Glehen et Fils
   Terre-plein du Port
   29730 Le Guilvinec
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 2 242 223,16 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Sous réserve de la protection des secrets protégés par la loi,
   notamment le secret des affaires, les demandes de consultation du
   contrat se font par courrier adressé au Service centralisé des achats,
   à l'adresse mentionnée dans le présent avis.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [7]greffe.taparis@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du Tribunal administratif de Paris (voir coordonnées ci-dessus)
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Transport von Haushaltsabfällen - IT-Rom
Transport von Haushaltsabfällen
Dokument Nr...: 13473-2016 (ID: 2016011509095451235)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  IT-Rom: Transport von Haushaltsabfällen
   2016/S 10/2016 13473
   AMA SpA, Via Calderon de la Barca 87, Direzione Generale  Servizio
   Acquisti, Roma 00142, ITALIEN. Telefon: +39 0651692874. Fax: +39
   065193063. E-Mail: area.acquisti@amaroma.it
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 1.8.2015, [1]2015/S
   147-271562)
   Betr.:
   CPV:90512000
   Transport von Haushaltsabfällen
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Der Auftrag wurde nicht vergeben
   Weitere zusätzliche Informationen
   Gara deserta.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271562-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 15/01/2016    S10    - - Servizi - Informazioni complementari -
   Procedura aperta
   Italia-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti
   2016/S 010-013473
   AMA SpA, Via Calderon de la Barca 87, Direzione Generale  Servizio
   Acquisti, Roma 00142, ITALIA. Telefono: +39 0651692874. Fax: +39
   065193063. Posta elettronica: area.acquisti@amaroma.it
   (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 1.8.2015,
   [1]2015/S 147-271562)
   Oggetto:
   CPV:90512000
   Servizi di trasporto di rifiuti
   Procedura incompleta
   L'appalto non è stato aggiudicato
   Altre informazioni complementari
   Gara deserta.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigung von Schulen - DE-Hamburg
Reinigung von Schulen
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 13573-2016 (ID: 2016011509105651330)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  DE-Hamburg: Reinigung von Schulen
   2016/S 10/2016 13573
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Finanzbehörde Hamburg
   Gänsemarkt 36
   Zu Händen von: Lisanne Aßmann
   20354 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 40428231381
   E-Mail: [6]ausschreibungen@fb.hamburg.de
   Fax: +49 40427310686
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.ausschreibungen.hamburg.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Finanzbehörde
   Hamburg
   Gänsemarkt 36
   20354 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 40428231380
   E-Mail: [8]finanzbehoerde.poststelle@fb.hamburg.de
   Fax: +49 40428231402
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg, Mümmelmannsberg 75,
   22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 14: Gebäudereinigung und Hausverwaltung
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Gebäudereinigung in einer Schule.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90919300, 90911200
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für alle Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Schulgebäude: 19 454 m^2, Sporthalle: 4 237 m^2, Lehrerprüfungsamt: 798
   m^2, Mintarium: 634 m^2, Haus der Jugend: 1 189 m^2, Elternschule: 356
   m^2.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg
   75, 22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres
   1)Kurze Beschreibung
   Unterhaltsreinigung der Gebäudeteile des Schulbaus Hamburg der Schule
   Mümmelmannsberg 75 (Schule, Sporthalle, Lehrerprüfungsamt, Mintarium).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90919300, 90911200
   3)Menge oder Umfang
   Schulgebäude: 19 454 m^2, Sporthalle: 4 237 m^2, Lehrerprüfungsamt: 798
   m^2, Mintarium: 634 m^2.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg
   75, 22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres
   1)Kurze Beschreibung
   Unterhaltsreinigung der Gebäudeteile des Bezirksamts Hamburg-Mitte der
   Schule Mümmelmannsberg 75 (Haus der Jugend, Elternschule).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90919300, 90911200
   3)Menge oder Umfang
   Haus der Jugend: 1 189 m^2, Elternschule: 356 m^2.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Von den im Angebot aufgeführten
   kalkulatorischen Arbeitsstunden dürfen in der späteren
   Vertragsdurchführung nur maximal 40 % mit geringfügig beschäftigten
   Reinigungskräften (Geringverdiener) erbracht werden. Soweit die täglich
   zu leistenden Arbeitsstunden es zulassen, sollte ein weitestgehender
   Verzicht auf Geringverdiener angestrebt werden.
   Von allen Bietern muss mit dem Angebot die ausgefüllte und
   unterschriebene Eigenerklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines
   Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz eingereicht
   werden.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Von allen Bietern ist eine Eigenerklärung zur
   Zuverlässigkeit abzugeben. Die Angaben werden ggf. von der
   Vergabestelle durch eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach §
   150a Gewerbeordnung (GewO) überprüft: Von in- und ausländischen Bietern
   wird von der Vergabestelle für den Bieter, der den Zuschlag erhalten
   soll, zur Bestätigung der Erklärungen, eine Auskunft aus dem
   Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bundesamt für
   Justiz angefordert; von ausländischen Bietern wird ggf. eine
   gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes gefordert. Die
   Finanzbehörde behält sich vor, nach Angebotsabgabe von den
   aussichtsreichen Bietern auf gesonderte Anforderung entsprechende
   Bescheinigungen: Steuerliche Bescheinigung zur Beteiligung an
   Öffentlichen Aufträgen bzw. Bescheinigung in Steuersachen,
   Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse,
   Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft abzufordern.
   Die Bescheinigungen sind in aktueller Fassung einzureichen und dürfen
   nicht älter als ein Jahr sein.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Sofern ein Bieter bis zum Einreichungstermin
   keine Reinigungsaufträge für die FHH ausgeführt hat, sind möglichst
   aktuelle Referenzen über anderweitige gleichartige
   Reinigungsdienstleistungen (möglichst in vergleichbaren Objekten)
   beizubringen (Aufstellung mit Adresse, Name des aktuellen
   Ansprechpartners, Telefon). Bieter, die sich in den letzten 12 Monaten
   im Bereich Gebäudereinigung betätigt haben und sich in diesem
   Zeitraum um öffentliche Aufträge beworben haben, können sich auf
   frühere Angaben beziehen, sofern sich zwischenzeitlich keine Änderungen
   ergeben haben. Leistungsmängel und negative Erfahrungen der FHH mit
   einem Bieter, die sich auf Reinigungsverträge in der Vergangenheit
   beziehen, finden im Rahmen der Eignungsprüfung ebenfalls
   Berücksichtigung und können die Leistungsfähigkeit eines Bieters bis
   hin zum Angebotsausschluss beeinträchtigen. U. a. begründen Abmahnungen
   und fristlose Kündigungen in jüngerer Vergangenheit wegen mangelnder
   Reinigungsleistung eines Bieters eine genaue Überprüfung durch die
   Vergabestelle. Unter Zugrundelegung der Unternehmensverhältnisse zum
   Zeitpunkt der Angebotsabgabe wird dann in Einzelprüfung festgestellt,
   ob das Angebot wegen der in der Vergangenheit aufgetretenen Mängel und
   negativen Erfahrungen von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) erwartet die Anwendung neuester
   Techniken und Erkenntnisse des Gebäudereinigerhandwerks und verlangt
   mit den Reinigungsleistungen nicht nur die Erbringung von säubernden,
   sondern auch von pflegenden und substanzerhaltenden Tätigkeiten. Aus
   diesem Grund werden gesteigerte Voraussetzungen an das Vorliegen der
   Fachkunde geknüpft. Fachkundig ist der Bieter, der durch Vorlage einer
   Kopie seiner gültigen Handwerkskarte der zuständigen Handwerkskammer
   die Eintragung als zulassungsfreies Handwerk Gebäudereiniger belegt.
   Darüber hinaus ist der Nachweis zu führen, dass der Inhaber des
   Reinigungsunternehmens über eine abgeschlossene Berufsausbildung im
   Gebäudereinigerhandwerk (Geselle/Gesellin im Gebäudereinigerhandwerk)
   verfügt oder der Betrieb an verantwortlicher Stelle durch eine(n)
   Gesellen/Gesellin geführt wird. Bieter aus dem Ausland können ihre
   Fachkunde durch die Beschäftigung eines Gesellen/Gesellin im
   Gebäudereinigerhandwerk an verantwortlicher Stelle oder durch
   Beschäftigte, die einen den vorgenannten deutschen Abschlüssen
   vergleichbaren Abschluss aufweisen, belegen. Gleichwertige
   Bescheinigungen bzw. Nachweise von Stellen ihres Heimatlandes sind mit
   einer Übersetzung in die deutsche Sprache vorzulegen.
   Wird die ausgeschriebene Leistung auf Glasreinigungsarbeiten
   beschränkt, so ist der Einsatz
   eines Facharbeiters in aufsichtführender Position für die Erfüllung der
   von der FHH geforderten gesteigerten Fachkunde ausreichend.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
   vorbehalten: nein
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Preis. Gewichtung 70
   2. Qualität. Gewichtung 30
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   OV2015000132
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   9.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 15.8.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Über das Online-Portal Hamburg-Service ([9]www.gateway.hamburg.de)
   können Sie sich für die elektronische Vergabe registrieren, die
   Vergabeunterlagen kostenfrei einsehen, bearbeiten und Ihr Angebot
   elektronisch einreichen.
   Hier finden Sie Hinweise zur Registrierung:
   [10]https://gateway.hamburg.de/hamburggateway/fvp/fv/BasisHilfe/HilfeFi
   rmen.aspx
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer bei der Finanzbehörde
   Große Bleichen 27
   20354 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [11]dieter.carmesin@fb.hamburg.de
   Telefon: +49 40428231448
   Fax: +49 40428232020
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Gemäß § 107 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein
   Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 107
   Abs. 3 Nr. 1 GWB unzulässig, wenn der Antragsteller den gerügten
   Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
   gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Die Rüge gilt
   nur dann als unverzüglich, wenn sie nicht später als 14 Kalendertage
   nach Kenntnis des behaupteten Verstoßes eingelegt wird. Des Weiteren
   ist gemäß § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB der Nachprüfungsantrag unzulässig,
   wenn mehr als 15 Tage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
   einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer bei der Finanzbehörde
   Große Bleichen 27
   20354 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [12]dieter.carmesin@fb.hamburg.de
   Telefon: +49 40428231448
   Fax: +49 40428232020
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   13.1.2016
References
   6. mailto:ausschreibungen@fb.hamburg.de?subject=TED
   7. http://www.ausschreibungen.hamburg.de/
   8. mailto:finanzbehoerde.poststelle@fb.hamburg.de?subject=TED
   9. http://www.gateway.hamburg.de/
  10. https://gateway.hamburg.de/hamburggateway/fvp/fv/BasisHilfe/HilfeFirmen.aspx
  11. mailto:dieter.carmesin@fb.hamburg.de?subject=TED
  12. mailto:dieter.carmesin@fb.hamburg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beschaffungsberatung - SE-Stockholm
Beschaffungsberatung
Dokument Nr...: 13673-2016 (ID: 2016011509120451431)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  SE-Stockholm: Beschaffungsberatung
   2016/S 10/2016 13673
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Sveriges riksbank
   Brunkebergstorg 11
   Zu Händen von: Jenny Rosenblad
   SE-103 37 Stockholm
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]jenny.rosenblad@riksbank.se
   Weitere Auskünfte erteilen: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [5]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79418000
   Beschreibung
   Beschaffungsberatung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:jenny.rosenblad@riksbank.se?subject=TED
   5. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
   6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
   7. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
OT: 15/01/2016    S10    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för upphandling
   2016/S 010-013673
   Meddelande om upphandling
   Tjänster
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Sveriges riksbank
   Brunkebergstorg 11
   Att: Jenny Rosenblad
   SE-103 37 Stockholm
   SVERIGE
   E-post: [6]jenny.rosenblad@riksbank.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [9]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Ekonomi och finans
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Upphandling av konsult till webb-upphandling och övertagande.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed
   sammanhängande tjänster
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Stockholm.
   NUTS-kod SE110
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   På Riksbanken pågår ett upphandlingsprojekt för webb-tjänster;
   externwebb, intranät och webb-TV. Projektet behöver förstärkas med en
   person som kan leda arbetet med att slutföra upphandlingarna och
   därefter leda arbetet gentemot kommande leverantörerna för att
   genomföra övertagandet.
   Utöver dessa aktiviteter finns behov av att bidra med extern strategisk
   kompetens för utveckling av webb-miljön och bidra med extern kompetens
   när det gäller att utveckla rutiner och samarbete med ny leverantör.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   79418000
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   2015-00864
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   22.2.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 31.5.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Datum: 23.2.2016 - 0:00
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   VI.2)Information om EU-medel
   VI.3)Kompletterande information
   Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dizbbmtr
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diagnostikausrüstung - PL-Rybnik
Diagnostikausrüstung
Dokument Nr...: 1373-2016 (ID: 2016010509033338705)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  PL-Rybnik: Diagnostikausrüstung
   2016/S 2/2016 1373
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
   Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
   ul. Energetyków 46
   Zu Händen von: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), tel.: +48
   324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204,
   od poniedziaku do pitku w godz. 9:0014:00, 44-200 Rybnik
   44-200 Rybnik
   POLEN
   Telefon: +48 324291288
   E-Mail: [4]zampub@szpital.rybnik.pl
   Fax: +48 324291225
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.szpital.rybnik.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Samodzielny
   Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
   nr 3 w Rybniku
   ul. Energetyków 46
   Zu Händen von: Oferty naley skada w sekretariacie Dyrektora (Pawilon
   nr 2  Przychodnia Wielospecjalistyczna, I pitro, pok. nr 103)
   44-200 Rybnik
   POLEN
   Telefon: +48 324291288
   Fax: +48 324291225
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33124100
   Beschreibung
   Diagnostikausrüstung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 18.3.2016 - 11:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   18.3.2016 - 11:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:zampub@szpital.rybnik.pl?subject=TED
   5. http://www.szpital.rybnik.pl/
OT: 05/01/2016    S2    - - Dostawy - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Rybnik: Urzdzenia diagnostyczne
   2016/S 002-001373
   Ogoszenie o zamówieniu
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
   Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
   ul. Energetyków 46
   Osoba do kontaktów: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), tel.: +48
   324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204,
   od poniedziaku do pitku w godz. 9:0014:00, 44-200 Rybnik
   44-200 Rybnik
   POLSKA
   Tel.: +48 324291288
   E-mail: [6]zampub@szpital.rybnik.pl
   Faks: +48 324291225
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szpital.rybnik.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej
   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
   ul. Energetyków 46
   Osoba do kontaktów: Oferty naley skada w sekretariacie Dyrektora
   (Pawilon nr 2  Przychodnia Wielospecjalistyczna, I pitro, pok. nr
   103)
   44-200 Rybnik
   POLSKA
   Tel.: +48 324291288
   Faks: +48 324291225
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Dostawa tomografu siatkówki z wyposaeniem  1 sztuka.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: SPZOZ WSS nr 3, ul. Energetyków 46,
   44-200 Rybnik, Polska.
   Kod NUTS PL227
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa tomografu siatkówki z
   wyposaeniem  1 sztuka dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki
   Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
   Umowa zostanie zawarta bezporednio po zakoczeniu postpowania, a
   realizacja dostawy, zgodnie z warunkami szczegóowo okrelonymi w
   umowie, nastpi do 28 dni od daty zawarcia umowy.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   33124100
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Zamówienie niniejsze stanowi cz zamówienia na wyroby medyczne 
   zakupy inwestycyjne, którego warto przekracza równowarto 207 000
   EUR. Przedmiotem obecnie udzielanego zamówienia jest dostawa tomografu
   siatkówki z wyposaeniem  1 sztuka.
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci: 2 700 PLN.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Termin patnoci wynosi do 60 dni, liczc od dnia dorczenia prawidowo
   (pod wzgldem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do
   siedziby zamawiajcego  na zasadach okrelonych w umowie.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj
   penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie
   zamówienia publicznego albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia
   umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zwizku z tym do oferty
   naley doczy ww. penomocnictwo w formie oryginau lub odpisu
   notarialnego. Ponadto oferta musi by podpisana w taki sposób, by
   prawnie zobowizywaa wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
   udzielenie zamówienia.
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny
   speniania wymogów: dania zamawiajcego w zakresie wykazania
   speniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004
   Prawo zamówie publicznych  zwanej dalej Ustaw, i braku podstaw do
   wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o których mowa w art. 24
   ust. 1 Ustawy s nastpujce: wykonawca jest zobowizany w niej
   opisany sposób wykaza odpowiednio, nie póniej ni na dzie skadania
   ofert:
   1. spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy;
   2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o
   których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
   Ad. 1.
   Spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wykonawca
   jest zobowizany wykaza poprzez doczenie do oferty owiadczenia o
   spenianiu przez niego warunków w zakresie okrelonym w art. 22 ust. 1
   Ustawy  w stopniu pozwalajcym na zrealizowanie niniejszego
   zamówienia, zgodnie z wymaganiami szczegóowo opisanymi poniej w
   punkcie 2.
   Ocena speniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie ww.
   owiadczenia na zasadzie spenia/nie spenia (zoenie owiadczenia 
   we waciwej formie i o wymaganej treci  zostanie uznane za
   potwierdzenie speniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
   Ustawy).
   Ad. 2.
   Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o których
   mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowizany wykaza poprzez
   doczenie do oferty owiadcze i dokumentów  zgodnie z wymaganiami
   szczegóowo opisanymi poniej w punkcie 3.
   Ocena braku podstaw do wykluczenia z ww. powodów zostanie dokonana na
   podstawie ww. owiadcze i dokumentów na zasadzie spenia/nie spenia
   (zoenie  we waciwej formie i o wymaganej treci  owiadczenia, o
   którym mowa poniej w punkcie 3.1 oraz dokumentów wymienionych poniej
   w punktach 3.2 do 3.6, zostanie uznane za potwierdzenie braku podstaw
   do wykluczenia; w zakresie owiadczenia wymienionego poniej w punkcie
   3.7: owiadczenie wykonawcy, e nie naley on do adnej grupy
   kapitaowej, stanowi bdzie potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w przypadku
   zoenia listy podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej,
   która wskazuje, e wykonawcy nalecy do tej grupy zoyli odrbne
   oferty  zamawiajcy zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
   W celu wykazania speniania ww. warunków do oferty naley doczy
   nastpujce owiadczenia i dokumenty (zacznik nr 1 do oferty dotyczy
   przedmiotu zamówienia, std numeracja dotyczca owiadcze i dokumentów
   podmiotowych biegnie od numeru 2):
   2. owiadczenia i dokumenty suce wykazaniu speniania warunków
   udziau w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy;
   2.1. owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, o
   których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowicego zacznik
   nr 2.1 do specyfikacji);
   3. owiadczenia i dokumenty suce wykazaniu braku podstaw do
   wykluczenia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
   3.1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznociach, o
   których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowicego zacznik
   nr 3.1 do specyfikacji);
   3.2. aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert;
   3.3. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   3.4. aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   3.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48, 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   3.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert (dotyczy podmiotów
   zbiorowych);
   3.7. owiadczenie dotyczce przynalenoci wykonawcy do grupy
   kapitaowej  lista podmiotów nalecych do tej samej co wykonawca
   grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo
   informacja o tym, e wykonawca nie naley do adnej grupy kapitaowej.
   Jeeli, w przypadku wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
   58, 10 i 11 Ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
   zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
   art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wczeniej ni 6
   miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
   gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
    zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
   notariuszem.
   Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej  w przypadku dokumentów wymienionych jako
   zaczniki nr 3.2 do nr 3.6 naley zastosowa zasady zawarte w
   Rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
   jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
   dokumenty mog by skadane z 19.2.2013 (Dz.U. 2013, poz. 231).
   W szczególnoci w takim wypadku w zakresie zaczników nr 3.2, 3.3, 3.4
   oraz 3.6 naley zoy dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
   którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
   odpowiednio, e:
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci (wystawione
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert);
   b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenia
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu (wystawione nie wczeniej
   ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert);
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
   (wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
   skadania ofert),
   natomiast w zakresie zacznika nr 3.5 naley zoy zawiadczenie
   waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
   albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48, 10 i 11 Ustawy (wystawione nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert).
   Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
   wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa wyej, zastpuje si je dokumentem
   zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
   do reprezentacji wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
   wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
   (z zachowaniem ww. terminów).
   W przypadku zoenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si
   o udzielenie zamówienia na podstawie owiadcze i dokumentów
   wymienionych w pozycjach 2 i 3 naley wykaza, e warunki udziau w
   postpowaniu s spenione odpowiednio przez podmioty wspólnie
   ubiegajce si o udzielenie zamówienia (warunki okrelone w art. 22
   ust.1 Ustawy wykonawcy speniaj co najmniej cznie, a aden z nich
   nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy). W zwizku
   z tym:
    w zakresie wykazania speniania warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 Ustawy wystarczajce jest zoenie jednego wspólnego
   owiadczenia wg wzoru nr 2.1,
    w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu
   niespeniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy naley
   zoy odrbne dla kadego z wykonawców owiadczenia wg wzoru nr 3.1 i
   odrbne dla kadego z wykonawców dokumenty wymagane jako zaczniki nr
   3.2 do 3.7.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Jak podano powyej w punkcie III.2.1).
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   Jak podano powyej w punkcie III.2.1).
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena. Waga 95
   2. Okres gwarancji. Waga 5
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   TAM-1230-PN/81-2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
   do dokumentów: 18.3.2016 - 11:00
   Dokumenty odpatne: tak
   Poda cen: 13,50 PLN
   Warunki i sposób patnoci: Opisano poniej w punkcie: VI.3):
   Informacje dodatkowe.
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   18.3.2016 - 11:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 18.3.2016 - 11:30
   Miejscowo:
   44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dzia Zamówie Publicznych, Pawilon
   nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I pitro, pokój nr 126.
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: tak
   Dodatkowe informacje o osobach upowanionych i procedurze otwarcia:
   Otwarcie ofert jest jawne.
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona pobra w wersji
   elektronicznej z ww. strony internetowej zamawiajcego lub w formie
   pisemnej: u zamawiajcego w terminie 5 dni od dnia zoenia wniosku  w
   godzinach pracy zamawiajcego, tj. 7:1514:00 (patno w kasie) albo
   poczt za pobraniem. Wniosek naley zoy w formie pisemnej powoujc
   si na nazw nadan zamówieniu przez zamawiajcego podan w punkcie
   II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1. Podana w punkcie
   IV.3.3 cena nie obejmuje kosztów przesania.
   Informacja o owiadczeniach i dokumentach potwierdzajcych spenianie
   przez oferowane dostawy wymaga okrelonych przez zamawiajcego:
   Zamawiajcy wymaga doczenia do oferty nastpujcych owiadcze i
   dokumentów: oprócz formularza cenowego stanowicego zacznik nr 1.1,
   do oferty naley ponadto doczy jako zaczniki nr 1.2, 1.3, 1.4
   nastpujce owiadczenia i dokumenty:
   1.2 Specyfikacja techniczna (wg wzoru stanowicego zacznik nr 1.2 do
   specyfikacji).
   1.3 Warunki gwarancji jakoci i serwisu (wg wzoru stanowicego
   zacznik nr 1.3 do specyfikacji).
   1.4. Owiadczenia i dokumenty potwierdzajce posiadanie przez cay
   zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zaczniku nr 1.1 i 1.2,
   dopuszczenia do obrotu i do uywania:
   1.4.1. owiadczenie, e wykonawca jest w posiadaniu dopuszcze do
   obrotu i do uywania  zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa  dla
   wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest gotów do udostpnienia
   tych dopuszcze na danie zamawiajcego (take przed rozstrzygniciem
   przetargu  w ramach udzielanych na wezwanie zamawiajcego wyjanie) 
   wg wzoru stanowicego zacznik nr 1.4 do specyfikacji,
   1.4.2. deklaracja zgodnoci dla caego zaoferowanego asortymentu
   (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
   1.4.3. certyfikat zgodnoci dla caego zaoferowanego asortymentu wydany
   przez jednostk notyfikowan (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego
   z wyjtkiem klasy I).
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Urzdu Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17 A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w terminie 10 dni od
   dnia przesania informacji o czynnoci Zamawiajcego stanowicej
   podstaw jego wniesienia  jeeli zostay przesane faksem lub drog
   elektroniczn, albo w terminie 15 dni  jeeli zostay przesane w inny
   sposób. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu a take wobec
   postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w
   terminie 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
   Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie
   internetowej. Odwoanie wobec czynnoci innych, ni okrelone powyej
   wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy
   zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o
   okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia. Jeeli
   Zamawiajcy, mimo takiego obowizku, nie przesa Wykonawcy
   zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwoanie wnosi si
   nie póniej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
   Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia; w
   terminie 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy nie
   opublikowa w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o
   udzieleniu zamówienia.
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Departament Odwoa Urzdu Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17 A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Kesseln - FR-Isle
Reparatur und Wartung von Kesseln
Dokument Nr...: 13773-2016 (ID: 2016011509133851532)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FR-Isle: Reparatur und Wartung von Kesseln
   2016/S 10/2016 13773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ODHAC
   4 rue Robert Schuman
   Zu Händen von: Mme la directrice générale
   87170 Isle
   FRANKREICH
   Telefon: +33 555054207
   E-Mail: [4]marches@odhac87.fr
   Fax: +33 555054232
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.odhac.fr/
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://odhac.e-marchespublics.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50531100
   Beschreibung
   Reparatur und Wartung von Kesseln.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 517 840,50 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2497 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 437 514,05 EUR
   Auftrags-Nr: 2498 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 441 653,75 EUR
   Auftrags-Nr: 2499 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 448 734,90 EUR
   Auftrags-Nr: 2500 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 189 937,80 EUR
References
   4. mailto:marches@odhac87.fr?subject=TED
   5. http://www.odhac.fr/
   6. http://odhac.e-marchespublics.com/
OT: 15/01/2016    S10    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Isle: Services de réparation et d'entretien de chaudières
   2016/S 010-013773
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   ODHAC
   4 rue Robert Schuman
   À l'attention de: Mme la directrice générale
   87170 Isle
   FRANCE
   Téléphone: +33 555054207
   E-mail: [6]marches@odhac87.fr
   Fax: +33 555054232
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.odhac.fr/
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://odhac.e-marchespublics.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: Établissement public à caractère industriel et commercial
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Entretien et garantie totale des appareils de chauffage sanitaire
   individuels et de VMC gaz et sanitaire  2016 à 2020.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Code NUTS FR633
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Marché d'entretien et de garantie totale des appareils de chauffage
   sanitaire individuels et de VMC gaz et sanitaire
   2016 à 2020.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   50531100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 1 517 840,50 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur techniques. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 178-323800 du 15.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2497 Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 1: Lot géographique
   V.1)Date d'attribution du marché:
   26.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 437 514,05 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2498 Lot nº: 2 - Intitulé: Lot 2: Lot géographique
   V.1)Date d'attribution du marché:
   26.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 441 653,75 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2499 Lot nº: 3 - Intitulé: Lot 3: Lot géographique
   V.1)Date d'attribution du marché:
   26.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 448 734,90 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2500 Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: Département de la
   Haute-Vienne
   V.1)Date d'attribution du marché:
   26.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Savelys
   immeuble Space II, 11 allée James Watt
   33700 Mérignac
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 189 937,80 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce n° 15-138600, mise en ligne le 10.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   1 cours Vergniaud
   87000 Limoges
   E-mail: [10]greffe.ta-limoges@juradm.fr
   Téléphone: +33 555339155
   Fax: +33 555339160
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif
   1 cours Vergniaud
   87000 Limoges
   E-mail: [11]greffe.ta-limoges@juradm.fr
   Téléphone: +33 555339155
   Fax: +33 555339160
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenverarbeitungsdienste - IE-Dublin
Datenverarbeitungsdienste
Computer-Backup-Dienste und Katalogkonvertierung
Dokument Nr...: 13873-2016 (ID: 2016011509154351657)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  IE-Dublin: Datenverarbeitungsdienste
   2016/S 10/2016 13873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Department of Agriculture, Food and the Marine
   N/A
   Agriculture House, Kildare Street
   Zu Händen von: Harry O'Crowley
   2 Dublin
   IRLAND
   Telefon: +353 01-6072463
   E-Mail: [4]harry.ocrowley@agriculture.gov.ie
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETEND
   ERS_SIMPLE
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72500000, 72900000
   Beschreibung
   Datenverarbeitungsdienste.
   Computer-Backup-Dienste und Katalogkonvertierung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 184 000 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Asystec Ltd
   IE9769268N
   Suite 10, Block 256, Blanchardstown Corporate Park
   15 Dublin
   IRLAND
   E-Mail: [7]caoimhan.considine@asystec.ie
   Telefon: +353 15313342
   Internet-Adresse: [8]http://www.asystec.ie
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 184 000 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:harry.ocrowley@agriculture.gov.ie?subject=TED
   5. http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
   6. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETENDERS_SIMPLE
   7. mailto:caoimhan.considine@asystec.ie?subject=TED
   8. http://www.asystec.ie/
OT: 15/01/2016    S10    - - Services - Contract award notice - Open
   procedure
   Ireland-Dublin: Computer-related services
   2016/S 010-013873
   Contract award notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Department of Agriculture, Food and the Marine
   N/A
   Agriculture House, Kildare Street
   For the attention of: Harry O'Crowley
   2 Dublin
   IRELAND
   Telephone: +353 01-6072463
   E-mail: [6]harry.ocrowley@agriculture.gov.ie
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile:
   [7]http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
   Electronic access to information:
   [8]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETEND
   ERS_SIMPLE
   I.2)Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their
   regional or local sub-divisions
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   1 MCSE Certified Professional with Certification in CommVault Simpana
   Version 10.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 7: Computer and related services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Dublin 2.
   NUTS code IE
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   Under a shared service agreement between the Department of Agriculture,
   Food and the Marine (DAFM) and the Department of Communications Energy
   and Natural Resources (DCENR), the IT Operations function for DCENR is
   now provided by DAFM. DCENR and DAFM require a Level 3 help desk
   specialist to carry out standard Level 3 duties such as server
   building, server monitoring, troubleshooting, active directory
   maintenance and management, etc. CommVault Element, a core element of
   the role will involve the management, maintenance design and
   administration of a complex CommVault environment in DCENR. The
   environment consists of 50 + CommVault agents spread across 2 physical
   locations. EMC Storage Array Knowledge of EMC storage arrays including
   administration of EMC UniSphere although not required would be an
   advantage.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   72500000, 72900000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 184 000 EUR
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Cost of the proposed personnel (including daily rate). Weighting 500
   2. The quality of the candidate proposed. Weighting 450
   3. Proposal to manage the delivery of the service. Weighting 50
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   Section V: Award of contract
   Contract No: 1 Lot No: 1 - Lot title: 1 CommVault Simpana Version 10
   Professional with MCSE Certification
   V.1)Date of contract award decision:
   4.1.2016
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 2
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Asystec Ltd
   IE9769268N
   Suite 10, Block 256, Blanchardstown Corporate Park
   15 Dublin
   IRELAND
   E-mail: [9]caoimhan.considine@asystec.ie
   Telephone: +353 15313342
   Internet address: [10]http://www.asystec.ie
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 184 000 EUR
   Excluding VAT
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - BE-Lüttich
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 13973-2016 (ID: 2016011509164251757)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  BE-Lüttich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
   2016/S 10/2016 13973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ASBL Promotion des Aines
   Avenue d'Aix-la-Chapelle 60
   Kontaktstelle(n): La Clairière de Fayenbois
   Zu Händen von: Dominique Evrard
   4020 Liège
   BELGIEN
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71000000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros
   und Prüfstellen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   ARTAU Architectures
   4960 Malmedy
   BELGIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 15/01/2016    S10    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure négociée
   Belgique-Liège: Services d'architecture, services de construction,
   services d'ingénierie et services d'inspection
   2016/S 010-013973
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   ASBL Promotion des Aines
   Avenue d'Aix-la-Chapelle 60
   Point(s) de contact: La Clairière de Fayenbois
   À l'attention de: Dominique Evrard
   4020 Liège
   BELGIQUE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: ASBL  maison de repos et de soins
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Liège-La Clairière de Fayenbois- Désignation d'une équipe pour une
   mission complète d'auteur de projet d'architecture pour la construction
   d'une résidence services de 24 logements.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
   d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
   urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
   scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: BE332.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Désignation d'une équipe pour une mission complète d'auteur de projet
   d'architecture pour la construction d'une résidence services de 24
   logements.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   71000000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Qualité du concept, de l'intervention architecurale. Pondération 30
   2. Performance et fonctionnalité de l'outil. Pondération 20
   3. Maîtrise des budgets d'investissement et des coûts de
   fonctionnement. Pondération 20
   4. Gestion des délais du projet de construction. Pondération 15
   5. Honoraires. Pondération 15
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   MP2015-FAY-02
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 102-186004 du 29.5.2015
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Date d'attribution du marché:
   18.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   ARTAU Architectures
   4960 Malmedy
   BELGIQUE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bewachungsdienste - BG-Sofia
Bewachungsdienste
Dokument Nr...: 14073-2016 (ID: 2016011509174251858)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  BG-Sofia: Bewachungsdienste
   2016/S 10/2016 14073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Oblastna administratsiya na Sofiyska oblast
   bul. Vitosha No. 6
   Kontaktstelle(n): gr. Sofiya, bul. Vitosha No. 6
   Zu Händen von: Ina Lambeva
   1000 Sofiya
   BULGARIEN
   Telefon: +359 29301801
   Fax: +359 29883484
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]http://www.sofoblast.government.bg/
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
   %D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79713000
   Beschreibung
   Bewachungsdienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 407 160 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: -30 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      :176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   BULGARIEN
   E-Mail: [6]cprestij_ss@abv.bg
   Telefon: +359 281888
   Internet-Adresse: [7]http://strong-s.bg/
   Fax: +359 28555148
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 108 192 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 98 280 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: -31 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   BULGARIEN
   E-Mail: [8]cprestij_ss@abv.bg
   Telefon: +359 281888
   Internet-Adresse: [9]http://strong-s.bg/
   Fax: +359 28555148
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 77 280 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 70 200 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: -32 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   BULGARIEN
   E-Mail: [10]cprestij_ss@abv.bg
   Telefon: +359 281888
   Internet-Adresse: [11]http://strong-s.bg/
   Fax: +359 28555148
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 77 280 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 70 200 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: -33 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   BULGARIEN
   E-Mail: [12]cprestij_ss@abv.bg
   Telefon: +359 281888
   Internet-Adresse: [13]http://strong-s.bg/
   Fax: +359 28555148
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 77 280 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 70 200 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: -34 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   BULGARIEN
   E-Mail: [14]cprestij_ss@abv.bg
   Telefon: +359 281888
   Internet-Adresse: [15]http://strong-s.bg/
   Fax: +359 28555148
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 108 192 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 98 280 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
References
   4. http://www.sofoblast.government.bg/
   5. http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D
1%87%D0%B0
   6. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
   7. http://strong-s.bg/
   8. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
   9. http://strong-s.bg/
  10. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
  11. http://strong-s.bg/
  12. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
  13. http://strong-s.bg/
  14. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
  15. http://strong-s.bg/
OT: 15/01/2016    S10    - -  -      -
    
   -:  
   2016/S 010-014073
      
   
    2004/18/
    :  
   I.1),   /  
       
   000776057
   .   6
   /  : . , .   6
     :  
   1000 
   
   : +359 29301801
      : [6]sofoblast@government.bg
   : +359 29883484
    /:
        :
   [7]http://www.sofoblast.government.bg/
       :
   [8]http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
   %D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
   I.2)   
      
   I.3) 
     
   I.4)        
            :
   
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
          
      ,     
      6  :
      1:    ,   
   . , . "  6;
      2:     . , 
   ;
      3:     . , 
   ;
      4:       . ,
    ,       
   000107, 000072, 300021, 300020;
      5:      000539   
   . ,     ;
      6:      000103   
   .      000110    .  ,
         .
   II.1.2)        , 
          
   
      23:    ,  
       
          ,  
         : .  
      .
    NUTS BG411,BG412
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /
          
      ,     
      6  :
      1:    ,   
   . , . "  6;
      2:     . , 
   ;
      3:     . , 
   ;
      4:       . ,
    ,       
   000107, 000072, 300021, 300020;
      5:      000539   
   . ,     ;
      6:      000103   
   .      000110    .  ,
         .
   II.1.5)O   (CPV)
   79713000
   II.1.6)      (GPA)
            (GPA):
   
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 407 160 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.2)  
   IV.2.1)  
    -    
   1.  1    .  60
   2.  2    .  40
   IV.2.2)   
      : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,    
   IV.3.2)    
     
         : [9]2015/S 085-152499  2.5.2015
    V:   
    : -30   : 1 -   
   :        
      ,     
      6  :   1:  
    ,    . , .   6
   V.1)      :
   28.4.2015
   V.2)  
      : 7
   V.3)     ,    
        
      :176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   
      : [10]cprestij_ss@abv.bg
   : +359 281888
    : [11]http://strong-s.bg/
   : +359 28555148
   V.4)    
        :
   : 108 192 BGN
       
        :
   : 98 280 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    : -31   : 2 -   
   :        
      ,     
      6  :    2: 
      . ,  
   V.1)      :
   28.4.2015
   V.2)  
      : 6
   V.3)     ,    
        
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   
      : [12]cprestij_ss@abv.bg
   : +359 281888
    : [13]http://strong-s.bg/
   : +359 28555148
   V.4)    
        :
   : 77 280 BGN
       
        :
   : 70 200 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    : -32   : 4 -   
   :        
      ,     
      6  :    4: 
        . ,  ,   
        000107, 000072, 300021, 300020
   V.1)      :
   28.4.2015
   V.2)  
      : 6
   V.3)     ,    
        
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   
      : [14]cprestij_ss@abv.bg
   : +359 281888
    : [15]http://strong-s.bg/
   : +359 28555148
   V.4)    
        :
   : 77 280 BGN
       
        :
   : 70 200 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    : -33   : 5 -   
   :        
      ,     
      6  :    5: 
       000539    . ,   
    
   V.1)      :
   28.4.2015
   V.2)  
      : 6
   V.3)     ,    
        
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   
      : [16]cprestij_ss@abv.bg
   : +359 281888
    : [17]http://strong-s.bg/
   : +359 28555148
   V.4)    
        :
   : 77 280 BGN
       
        :
   : 70 200 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    : -34   : 6 -   
   :        
      ,     
      6  :    6: 
       000103    .     
   000110    .  ,      
   
   V.1)      :
   28.4.2015
   V.2)  
      : 6
   V.3)     ,    
        
      : 176836180
   .    24, . 7, . 1, . 1
   1000 
   
      : [18]cprestij_ss@abv.bg
   : +359 281888
    : [19]http://strong-s.bg/
   : +359 28555148
   V.4)    
        :
   : 108 192 BGN
       
        :
   : 98 280 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
     -8/22.07.2015.      
            
         .. .
      13157/ 07.12.2015.    
     742/17.09.2015.       
        -8/22.07.2015.    
    .
   VI.3)  
   VI.3.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [20]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [21]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kanalisationsarbeiten - FR-Nantes
Kanalisationsarbeiten
Dokument Nr...: 14173-2016 (ID: 2016011509182751950)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  FR-Nantes: Kanalisationsarbeiten
   2016/S 10/2016 14173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Nantes Métropole
   2 cours du Champ de Mars
   Zu Händen von: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 9
   FRANKREICH
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45232410
   Beschreibung
   Kanalisationsarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SNC DLE Ouest
   5 rue de la Catalogne
   44240 La Chapelle-sur-Erdre
   FRANKREICH
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 62 723 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
OT: 15/01/2016    S10    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Nantes: Travaux d'assainissement
   2016/S 010-014173
   Avis d'attribution de marché  secteurs spéciaux
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Nantes Métropole
   2 cours du Champ de Mars
   À l'attention de: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 9
   FRANCE
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   I.2)Activité principale
   Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
   Eau
   Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
   d'autobus
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
   adjudicatrices: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Nantes  place Émile Zola  reconstruction des réseaux d'assainissement
   unitaire et de ses branchements. A titre accessoire, cette consultation
   comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en
   difficulté.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Nantes  place Émile Zola  reconstruction des réseaux d'assainissement
   unitaire et de ses branchements.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45232410
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   15EN12
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Attribution et valeur du marché
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   12.1.2016
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SNC DLE Ouest
   5 rue de la Catalogne
   44240 La Chapelle-sur-Erdre
   FRANCE
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 62 723 EUR
   Hors TVA
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Critères d'attribution (coefficient)
    valeur économique de l'offre au regard du DQE: 40,
    valeur technique de l'offre: 40,
    valeur environnementale de l'offre: 10,
    valeur insertion professionnelle: 10.
   Section V: attribution du marché
   La date indiquée est celle de la notification du marché et non pas
   celle à laquelle le marché a été attribué.
   Le montant indiqué s'entend comme le montant mentionné dans le DQE.
   Modalités de consultation du marché auprès de:
   Nantes Métropole  direction de la commande publique  service des
   marchés  immeuble Valmy  11 avenue Carnot  44923 Nantes Cedex 9 
   Tél. +33 240992377, +33 240992378  Fax: +33 240999840.
   Ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.
   Date de signature du marché: 12.1.2016.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée Ile Gloriette, BP 24111. E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr.
   Tél. +33 240994600. Fax: +33 240994658
   44000 Nantes Cedex 01
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée Ile Gloriette, BP 24111. E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr.
   Tél. +33 240994600. Fax: +33 240994658
   44000 Nantes Cedex 01
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft - EE-Tallinn
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 14273-2016 (ID: 2016011509192552055)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  EE-Tallinn: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
   2016/S 10/2016 14273
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Elektrilevi OÜ
   11050857
   Kadaka tee 63
   Zu Händen von: Angela Laine
   12915 Tallinn
   ESTLAND
   Telefon: +372 57880681
   E-Mail: [4]angela.laine@elektrilevi.ee
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.elektrilevi.ee
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.elektrilevi.ee
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]https://riigihanked.riik.ee
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://riigihanked.riik.ee
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77230000
   Beschreibung
   Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkond
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77230000
   3)Menge oder Umfang:
   Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
   hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
   hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
   lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
   muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
   Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
   alljärgnev:
   Osa 1  Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda  360
   000 EUR.
   Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
   statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
   Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkond
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77230000
   3)Menge oder Umfang:
   Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
   hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
   hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
   lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
   muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
   Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
   alljärgnev:
   Osa 1  Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda 
   360 000 EUR
   Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
   statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
   Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 13:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Estnisch.
References
   4. mailto:angela.laine@elektrilevi.ee?subject=TED
   5. http://www.elektrilevi.ee/
   6. http://www.elektrilevi.ee/
   7. https://riigihanked.riik.ee/
   8. https://riigihanked.riik.ee/
OT: 15/01/2016    S10    - - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus
   Eesti-Tallinn: Mitmesugused metsandusega seotud teenused
   2016/S 010-014273
   Hanketeade  võrgustikega seotud sektorid
   Teenused
   Direktiiv 2004/17/EÜ
   I osa: Võrgustiku sektori hankija
   I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed
   Elektrilevi OÜ
   11050857
   Kadaka tee 63
   Kontaktisik: Angela Laine
   12915 Tallinn
   EESTI
   Telefon: +372 57880681
   E-post: [6]angela.laine@elektrilevi.ee
   Internetiaadress(id):
   Võrgustiku sektori hankija üldaadress: [7]http://www.elektrilevi.ee
   Ostjaprofiili aadress: [8]http://www.elektrilevi.ee
   Elektrooniline juurdepääs teabele: [9]https://riigihanked.riik.ee
   Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine:
   [10]https://riigihanked.riik.ee
   Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
   Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a dünaamilist
   hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
   Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt
   eelmainitud kontaktandmed
   I.2)Hankija põhitegevus
   Elektrienergia
   I.3)Hankeleping sõlmitakse teiste võrgustiku sektori hankijate nimel
   II osa: Hankelepingu objekt
   II.1)Kirjeldus
   II.1.1)Võrgustiku sektori hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
   0,4-35 kV liinikoridoride hooldustööde teostamine Elektrilevi OÜ
   Kilingi-Nõmme ja Abja ning Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkondades.
   II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise
   või teenuste osutamise koht
   Teenused
   Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused
   Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste
   osutamise koht: Eesti.
   NUTS kood EE
   II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise
   hankesüsteemi (DPS) kohta
   Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
   II.1.4)Teave raamlepingu kohta
   Raamleping mitme pakkujaga
   arv osalejat kavandatavale raamlepingule: 2
   Raamlepingu kestus
   Kestus kuudes: 24
   Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul
   Eeldatav maksumus käibemaksuta: 720 000 EUR
   II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus:
   Käesoleva hanke mahtu kuuluvad pakkumuse maksumus(t)e tabeli(te)s (osa
   1, osa 2) toodud liinikoridori hooldustööd järgmistes Elektrilevi OÜ
   piirkondades:
   1.1 Osa 1  Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonnnad.
   1.2 Osa 2  Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonnad.
   Hanke käidupiirkondadade kaardi leiate hankedokumentide alt, fail
   nimega Kaidupiirid.
   2. Teostamisele kuuluva tööna kohustub edukas pakkuja tegema järgmist:
   2.1 Õhuliinide puhastustööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi
   seadustele, määrustele ja muudele nõuetele (s.h Maanteeameti ja/või
   Keskkonnaameti määrustele, korraldustele, eeskirjadele,
   ettekirjutustele jne).
   2.2 Puude, puude okste ja võsa raiumisel laasima, järkama ja langetama
   puud, puud kokku koondama, kinnisasja omaniku nõudmisel koguma
   raiejäätmed vallidesse või hunnikutesse liinikoridori välisservadele.
   2.3 Ette teavitama kinnisasja omanikku Elektrilevi OÜ vormil
   (Maaomaniku teavituskirja vorm) töö teostamisest ja kooskõlastama
   kinnisasja omanikuga erinõuded langetatud puude laasimise, järkamise ja
   kokku kogumise ja raiejäätmete koristuse osas.
   2.4 Hankima kõik tööks vajalikud kirjalikud load ja kooskõlastused
   kohalikelt omavalitsustelt, metsavaldajatelt, kinnisasja omanikelt,
   maakasutajatelt, Keskkonnaametilt ning taotlema tööks vajalikud
   raieload, metsateatised.
   2.5 Jätma raiutud metsamaterjali kinnisasja omanikule või kinnistu
   kasutusõigust omavale isikule, v.a. juhul, kui kinnistu omanik või
   kinnistu kasutusõigust omav isik ei lepi Töövõtjaga kirjalikult kokku
   teisiti.
   Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist. Lepingu alusel
   tellimusi hakatakse esitama alates 1.4.2016.a.
   II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
   77230000
   II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA)
   kohta
   Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni
   riigihankelepinguga (GPA): ei
   II.1.8)Teave osade kohta
   Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
   Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
   II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
   Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
   II.2)Lepingu kogus või ulatus
   II.2.1)Üldkogus või ulatus:
   Töid teostatakse ühikhindade alusel vastavalt Hankija poolt edastatud
   tellimustele.
   Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
   hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
   hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
   lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
   muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
   Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed 3 aasta rahalised mahud on
   alljärgnevad:
   Osa 1  Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda  360
   000 EUR.
   Osa 2  Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda 
   360 000 EUR.
   Eeldatav maksumus käibemaksuta: 720 000 EUR
   II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
   II.2.3)Info uuendamiste kohta
   Seda lepingut võidakse uuendada: jah
   II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
   Kestus kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
   Teave osade kohta
   Osa nr: 1 Osa nimetus: Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkond
   2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
   77230000
   3)Kogus või ulatus:
   Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
   hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
   hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
   lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
   muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
   Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
   alljärgnev:
   Osa 1  Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda  360
   000 EUR.
   Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
   statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
   Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
   Osa nr: 2 Osa nimetus: Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkond
   2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
   77230000
   3)Kogus või ulatus:
   Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
   hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
   hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
   lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
   muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
   Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
   alljärgnev:
   Osa 1  Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda 
   360 000 EUR
   Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
   statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
   Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
   III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave
   III.1)Hankelepingu tingimused
   III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
   Pakkumuse tagatisena peab pakkuja esitama krediidi- või
   finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja vastavalt
   hankedokumentidele lisatud vormile (Vorm 6) või deponeerima
   tagatissumma Hankija arvelduskontole EE292200221025311485 Swedbankis
   iga osa kohta, millele pakkumus esitatakse, vastavalt alljärgnevale:
   1) Osa 1  Kui pakkumus hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda  3
   600 eurot.
   2) Osa 2  Kui pakkumus hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda
    3 600 eurot.
   Raha deponeerides hankija arvelduskontole esitada maksekorralduse
   koopia.
   Pakkumuse tagatis peab kehtima vähemalt 120 (ükssada kakskümmend)
   kalendripäeva alates pakkumuse esitamisest. Garantiikirja tellimisel
   kohustub pakkuja arvestama Hankija õigusega muuta hankedokumente, mille
   tulemusena võib pikeneda pakkumuse esitamise tähtaeg ning sellest
   tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav tähtaeg.
   III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid
   reguleerivatele asjaomastele sätetele:
   Arve maksetähtaeg on järgmine:
   1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva Tellija poolt arve
   kättesaamisest arvates või
   2) 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva Tellija poolt arve
   kättesaamisest arvates. Käesolevas punktis nimetatud maksetähtaja
   valimise korral on Töövõtjal võimalik liituda Tellija
   faktooringprogrammiga. Tellija faktooringprogrammi ja selles osalemise
   tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt
   ([11]http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/vwFaktooring/1?OpenDocum
   ent) või Tellija poolt teavitatud elektroonilises asukohas. Arve
   loetakse tasutuks Töövõtja arvelduskontole raha laekumise kuupäevast.
   Ettemakseid ei tehta. Tasumine toimub vastavalt teostatud, Tellijale
   üle antud ja Tellija poolt vastu võetud tööde alusel.
   III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt
   nõutav õiguslik vorm:
   Kui hankemenetluse osalemise pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt,
   peavad nad järgneva hankemenetluse toimingute tegemiseks volitama enda
   hulgast esindaja. Ühise pakkumuse volikiri tuleb esitada koos
   hankemenetluses osalemise ühispakkumusega.
   Ühise pakkumuse volikirjas ära märkida:
   1. volitatud isiku nimi;
   2. asukoht;
   3. registrikood;
   4. volitaja nimi;
   5. volitaja esindaja volituste õiguslik alus
   (seadus/põhikiri/volikiri), nimi, allkiri;
   6. ühise pakkuja roll hankelepingu täitmisel.
   Ühispakkumuses osalevad pakkujad peavad kinnitama, et vastutavad
   pakkumuse tegemise eest ühiselt ja üksikult igaüks eraldi, jäävad
   partneriteks kuni lepingulised kohustused hankija ees on täidetud.
   III.1.4)Muud eritingimused:
   III.2)Osalemistingimused
   III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või
   ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
   Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
   Pakkuja on kantud Äriregistrisse või asukohamaa vastavasse registrisse
    esitada Äriregistri B-kaardi koopia või asukohamaa analoogi koopia.
   Välisriigi pakkujal kohustuslik esitada asukohamaa analoogia koopia.
   2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
   pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud
   asjaolu:
   1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
   väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
   sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
   ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
   eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
   seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema eluvõi asukohariigi
   õigusaktide alusel kehtiv;
   2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud
   või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse
   kohaselt;
   3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
   menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;
   4) kes on esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetele vastavuse
   kohta.
   5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks
   jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse,
   olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust
   koos erinevate teiste ühispakkujatega või on andnud teisele pakkujale
   kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana
   hankelepingu täitmisel.
   Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vabas vormis vastavate asjaolude
   puudumise kohta.
   3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
   pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või
   asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või
   tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi
   maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine
   on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse
   algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine
   on täies ulatuses tagatud.
   Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse
   tähtpäevaks tasumata riiklike või eluvõi asukoha kohalike maksude ja
   tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis
   ületab 100 EUR.
   Nõutav dokument:
   Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja riiklike maksude maksuvõla
   puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, (milleks vastavalt
   riigihangete seaduse § 29 lg-le 2 on hanketeate riiklikus riigihangete
   registris avaldamise kuupäev) kontrollib hankija ise Maksu- ja
   Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel. Pakkujal tuleb
   esitada elu- või asukoha kohalike maksude võla puudumist hankemenetluse
   algamise päeva seisuga kinnitav tõend.
   Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud pakkujaga,
   esitab pakkuja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise
   kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
   tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise
   päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on
   hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul,
   kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga
   tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade
   puudumise kohta.
   4. Ühispakkujad esitavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise
   ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks endi hulgast valitud
   esindajale antud volikirja (Vorm 1).
   Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 (Volikiri ühispakkuja esindamise
   kohta).
   III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
   Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
   Pakkuja nõutavat minimaalset netokäivet tõendavad dokumendid.
   2013 ja 2014. majandusaasta keskmine netokäive ühe hankeosa kohta ei
   või kummalgi aastal olla väiksem kui 50 000 eurot aastas. Juhul kui
   pakkuja majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga, kehtivad
   netokäibe nõuded kahe viimase lõppenud majandusaasta osas. Viimase
   lõppenud majandusaasta lõpust peab olema möödunud vähemalt 6 kuud
   pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga.
   Netokäive peab olema saavutatud järgmistes või samaväärsetes
   tegevusvaldkondades:
    Metsamajandust abistavad tegevused EMTAK kood 02401.
    Maastiku hooldus ja korrashoid EMTAK kood 81301.
    Elektri- ja sidevõrkude ehitus EMTAK kood: 42221.
    Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad EMTAK 02101.
   Tegevusvaldkondade samaväärsuse hindaja on Hankija.
   Juhul kui majandusaasta aruannetes EMTAKi koodi all ei kajastu vastavat
   netokäivet, siis esitada pakkuja juhatuse liikme poolt allkirjastatud
   põhjendatud selgitus, miks netokäive ei kajastu nõutud EMTAKi koodi
   all.
   Pakkuja esitab netokäibe nõuetele vastavuse kohta kirjaliku kinnituse.
   Juhul kui pakkuja majandusaasta aruanded ei ole kättesaadavad hankijale
   avalikest andmebaasidest, siis esitab pakkuja ka 2013. ja 2014. aasta
   majandusaasta aruanded.
   Juhul kui tegemist ei ole Eesti äriregistris registreeritud pakkujaga
   esitab pakkuja nõutud majandusaasta aruanded.
   III.2.3)Tehniline pädevus
   Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
   Pakkuja kinnitus, mille kohaselt omab ta eelnevat töökogemust
   hanketeates nimetatud tööga iseloomult ja mahult samaväärse töö
   teostamisel. Esitada tööde referents 2013., 2014. ja 2015. aastal
   tehtud töödest koos töö tellija andmete ja töö maksumusega etteantud
   vormil (Vorm 2). Esitatud referentside maht peab olema võrdne või
   ületama 50 000 eurot osa kohta. Varasema töökogemuse samaväärsuse
   hindaja on Hankija. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2
   (Referentside loetelu).
   2. Esitada hanketeates nimetatud tööde teostamiseks kasutatava ja
   pakkuja omandis oleva tehnika nimekiri (registreerimisnumbritega) või
   (eel)kokkuleppe koopia tööks nõutavat tehnikat omava või kasutava
   äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjaga etteantud vormil (Vorm
   3); Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 (Tehnika loetelu).
   3. Pakkujal tuleb esitada kirjalik kinnitus etteantud vormil (Vorm 4).
   1) Kinnitus, et pakkujal on:
   1. Töö tegemiseks vajaliku väljaõppega personal.
   2. Töötajatel ja muu lepingu alusel hankelepingu esemeks olevaid töid
   teostavatel isikutel on töö iseloomule vastavad nõuetekohaste
   kaitseomadustega isikukaitsevahendid, korrektsed tööriided ja pakkuja
   logoga märgistused tööriietel ja -sõidukitel. Elektripaigaldistes,
   nende juures või lähedal töötades peavad kaitserõivad vastama standardi
   EN ISO 11612 või samaväärse nõuetele.
   3. Töötoimingu eest vastutavaks määratud isikute eesti keele suuline ja
   kirjalik oskus on vähemalt kesktasemele vastav, lülitajatel vähemalt
   algtasemele vastav.
   4. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel
   vähemalt üks elektriala A-klassi pädevusega töötaja või leping
   nimetatud õigustega isikuga.
   5. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel
   vähemalt üks madalpinge lülitamisõigustega töötaja või leping nimetatud
   õigustega isikuga.
   6. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel tagab
   pakkuja tööde teotamisel ühe töötoimingu eest vastutavaks määratud
   isiku õigustega töötaja töökohal viibimise iga töörühma kohta.
   7. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu täitmisel on
   töötajad juhendatud elektritööde teostamiseks Hankija
   elektripaigaldistes, nende juures või lähedal, nende teadmised
   kehtivate ohutuseeskirjade, sh Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi
   (neljas väljaanne) nõuete tundmise osas on kontrollitud ja selle kohta
   väljastatud vastavasisulised tunnistused on kehtivad.
   2) Kinnitaus, et pakkuja nõustub edukaks pakkujaks tunnistamise korral
   sõlmima kinnistute omanike kontaktandmete saamiseks e-kinnistusraamatu
   kasutamise lepingu, mis on tasuline.
   3) Kinnitus, et pakkujal puuduvad:
   RHS § 38 lg 1 p 1-3 ja p 5-6 ning § 38 lg 2 nimetatud hankemenetlusest
   kõrvaldamise alused.
   Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 (Esitatavad kinnitused).
   III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
   III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
   III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
   Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
   III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
   Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava
   personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei
   IV osa: Hankemenetlus
   IV.1)Hankemenetluse liik
   IV.1.1)Hankemenetluse liik
   Avatud
   IV.2)Hindamiskriteeriumid
   IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
   Madalaim hind
   IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
   Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
   IV.3)Haldusalane teave
   IV.3.1)Võrgustiku sektori hankija poolt toimikule antud viitenumber:
   IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
   ei
   IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide saamise
   tingimused (v.a dünaamilise hankesüsteemi kohta)
   Dokumendid on tasulised: ei
   IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
   22.2.2016 - 13:00
   IV.3.5)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
   eesti keel.
   IV.3.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
   päevades: 120 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
   IV.3.7)Pakkumuste avamise tingimused
   Kuupäev: 22.2.2016 - 13:00
   Pakkumuste avamise koht
   Riigihangete register.
   VI osa: Lisateave
   VI.1)Teave hanke kordumise kohta
   VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
   Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti
   ja/või programmiga: ei
   VI.3)Lisateave:
   Infoks:
   1. Hanketeate sisu kohta saab Hankijalt küsida selgitusi, pöördudes
   Hankija poole Riigihangete registri Teabevahetuse töölehe kaudu.
   Eelduseks on Hankijale Pakkuja kontaktandmete avaldamine,
   registreerudes riigihanke osalejaks. Küsimuste vastused saavad kõik
   hanke osalejad Riigihangete registri kaudu.
   2. Kui dokumentide esitaja puhul on tegemist Pakkuja B-kaardil oleva
   allkirjaõigusliku isikuga, piisab ühest digitaalsest allkirjast kõigi
   esitatavate dokumentide puhul  süsteem nõuab dokumentide esitamisel
   digitaalallkirjastamist.
   3. Teabevahetuse ja kvalifitseerimistingimuste töölehed muutuvad
   Riigihangete registri kasutajatele nähtavaks siis, kui ollakse hankele
   registreerunud. Hankesse on võimalik registreeruda kasutajatel, kes
   tegutsevad registris Pakkuja rollis. Kui registri kasutaja on Pakkuja
   nimel hankesse registreerunud, muutub süsteemis Teabevahetus tööleht
   aktiivseks ja selle kaudu saab hankesse puutuvaid küsimusi esitada.
   VI.4)Vaidlustusmenetlus
   VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   10122 Tallinn
   EESTI
   E-post: [12]vako@fin.ee
   Telefon: +372 6113711
   Internetiaadress: [13]http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
   Faks: +372 6113760
   VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
   VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   10122 Tallinn
   EESTI
   E-post: [14]vako@fin.ee
   Telefon: +372 6113711
   Internetiaadress: [15]http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
   Faks: +372 6113760
   VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten für Schulgebäude - CH-Basel
Bauarbeiten für Schulgebäude
Dokument Nr...: 14373-2016 (ID: 2016011509202852154)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
  CH-Basel: Bauarbeiten für Schulgebäude
   2016/S 10/2016 14373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für
   Submissionen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]bvdsub@bs.ch
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Schoren Primarschule Neubau, BKP 401 Erdbewegungen, Belagsarbeiten.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45214200
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 196-355811 vom 9.10.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   6.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Implenia Schweiz AG
   Burgfelderstraße 211
   4055 Basel
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 449 831 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Begründung des Zuschlagsentscheides: Die Vergabe des Auftrages erfolgt
   aufgrund des in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
   Zuschlagskriteriums an die günstigste Anbieterin.
   Rechtsmittelbelehrung: Soweit es sich nicht aus dieser Publikation
   ergibt, können die Beteiligten innerhalb von 5 Tagen, von der
   Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, verlangen,
   dass ihnen durch einen weiteren Entscheid eröffnet wird, aus welchen
   wesentlichen Gründen ihr Angebot nicht berücksichtigt wurde und worin
   die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten
   Angebotes liegen. Das Begehren ist schriftlich an das Bau- und
   Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
   öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, 4001 Basel zu richten.
   Rekurse sind innerhalb von 10 Tagen, von der Veröffentlichung im
   Kantonsblatt Basel-Stadt oder von der Zustellung der ergänzenden
   Begründung an gerechnet, an das Verwaltungsgericht Basel-Stadt,
   Bäumleingasse 1, 4051 Basel zu richten. Die Rekursschrift muss einen
   Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist
   beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
   soweit möglich beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.1.2016, Dok. 896929.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   13.1.2016
References
   6. mailto:bvdsub@bs.ch?subject=TED
   7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355811-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 15/01/2016    S10    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene
   Aufträge - Offenes Verfahren
   die Schweiz-Basel: Bauarbeiten für Schulgebäude
   2016/S 010-014373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für
   Submissionen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]bvdsub@bs.ch
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Schoren Primarschule Neubau, BKP 401 Erdbewegungen, Belagsarbeiten.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45214200
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 196-355811 vom 9.10.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   6.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Implenia Schweiz AG
   Burgfelderstraße 211
   4055 Basel
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 449 831 CHF
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Begründung des Zuschlagsentscheides: Die Vergabe des Auftrages erfolgt
   aufgrund des in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
   Zuschlagskriteriums an die günstigste Anbieterin.
   Rechtsmittelbelehrung: Soweit es sich nicht aus dieser Publikation
   ergibt, können die Beteiligten innerhalb von 5 Tagen, von der
   Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, verlangen,
   dass ihnen durch einen weiteren Entscheid eröffnet wird, aus welchen
   wesentlichen Gründen ihr Angebot nicht berücksichtigt wurde und worin
   die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten
   Angebotes liegen. Das Begehren ist schriftlich an das Bau- und
   Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
   öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, 4001 Basel zu richten.
   Rekurse sind innerhalb von 10 Tagen, von der Veröffentlichung im
   Kantonsblatt Basel-Stadt oder von der Zustellung der ergänzenden
   Begründung an gerechnet, an das Verwaltungsgericht Basel-Stadt,
   Bäumleingasse 1, 4051 Basel zu richten. Die Rekursschrift muss einen
   Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist
   beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
   soweit möglich beizulegen.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.1.2016, Dok. 896929.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Umbau von Gebäuden - DE-Nürnberg
Umbau von Gebäuden
Dokument Nr...: 14473-2016 (ID: 2016011609015352312)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  DE-Nürnberg: Umbau von Gebäuden
   2016/S 11/2016 14473
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Nürnberg Hochbauamt
   Marientorgraben 11
   Zu Händen von: Brigitte von Hormuzaki
   90402 Nürnberg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 911/231-14582
   E-Mail: [5]brigitte.hormuzaki@stadt.nuernberg.de
   Fax: +49 911/231-5628
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Rothenburger Str. 45, Umbau und Nutzungsänderung zum Familienzentrum.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort:
   DE254
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Abbruch, Baumeisterarbeiten, Trockenbau, Putz- und Stuck, Fliesen- und
   Platten, Bodenbelag, Estrich, Maler und Lackierer, Tischler und
   Schreiner, Metallbau, Trockenbau, Estrich, Schlosser, Naturstein,
   Gerüstbau, Elektrotechnik, Sanitär, Heizung, Lüftung, Förderanlagen.
   Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45262700
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   Geplanter Termin für
   Beginn der Bauarbeiten: 14.1.2016
   Abschluss der Bauarbeiten: 1.9.2017
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   13.1.2016
References
   5. mailto:brigitte.hormuzaki@stadt.nuernberg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Werkstätten - FR-Metz
Bau von Werkstätten
Straßenbauarbeiten
Holzarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Dokument Nr...: 14573-2016 (ID: 2016011609023652404)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Metz: Bau von Werkstätten
   2016/S 11/2016 14573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ESID de Metz
   rue du Maréchal Lyautey  CS 30 001
   Zu Händen von: Mme Muller Catherine
   57044 Metz Cedex 01
   FRANKREICH
   Telefon: +33 355748044
   E-Mail: [4]usid-metz.marches@defense.gouv.fr
   Fax: +33 355748029
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45213252, 45233120, 45422100, 45331000
   Beschreibung
   Bau von Werkstätten.
   Straßenbauarbeiten.
   Holzarbeiten.
   Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 15 SAI 261 Los-Nr: 1  la mise en oeuvre des installations
   de chantier, d'une clôture de chantier périphérique, la réalisation des
   réseaux et des voiries principales et d'accès aux ateliers, ainsi que
   les aires de manoeuvre des ateliers
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Roussey SAS
   rue Louis Freycinet, CS 20006
   10120 Saint-André-les-Vergers
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 592 668,02 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
   Auftrags-Nr: 15 SAI 262 Los-Nr: 2  la construction d'ateliers en
   ossature et charpente bois, la réalisation de leurs fondations, la mise
   en oeuvre des revêtements de sols et muraux, des plafonds suspendus et
   des menuiseries intérieures et extérieures
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Le Batiment Associe
   19 rue du Grand Pré, BP 19
   51140 Muizon
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 917 328,32 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
   Auftrags-Nr: 15 SAI 263 Los-Nr: 3  la mise en oeuvre de l'alimentation
   électrique des ateliers, des systèmes de chauffage par pompe à chaleur,
   de ventilations naturelles et mécaniques, de plomberie sanitaire et
   d'air comprimé
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Groupement Idex Energies SAS
   8 rue Mens, BP 80077
   55002 Bar-le-Duc Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 894 346,11 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
   4. mailto:usid-metz.marches@defense.gouv.fr?subject=TED
OT: 16/01/2016    S11    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Metz: Travaux de construction d'ateliers
   2016/S 011-014573
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   ESID de Metz
   rue du Maréchal Lyautey  CS 30 001
   À l'attention de: Mme Muller Catherine
   57044 Metz Cedex 01
   FRANCE
   Téléphone: +33 355748044
   E-mail: [6]usid-metz.marches@defense.gouv.fr
   Fax: +33 355748029
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Brienne le Château (10)  dépôt de munitions  établissement principal
   des munitions  Champagne Picardie (EPMU-CP)  construction de sept
   ateliers de maintenance pyrotechnique modulaires ID 440914-39608.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La présente consultation concerne l'exécution des travaux de
   construction de sept ateliers de maintenance pyrotechnique modulaires
   sur le terrain de l'Établissement principal des munitions Champagne
   Picardie (EPMU-CP), Dépôt de Munitions, à Brienne-le-Chateau (10).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45213252, 45233120, 45422100, 45331000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 70
   2. Valeur technique. Pondération 30
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15-PMO03-447-449
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 154-283442 du 12.8.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 15 SAI 261 Lot nº: 1 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
   conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
   particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la mise en oeuvre des
   installations de chantier, d'une clôture de chantier périphérique, la
   réalisation des réseaux et des voiries principales et d'accès aux
   ateliers, ainsi que les aires de manoeuvre des ateliers
   V.1)Date d'attribution du marché:
   12.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Roussey SAS
   rue Louis Freycinet, CS 20006
   10120 Saint-André-les-Vergers
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 2 592 668,02 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 15 SAI 262 Lot nº: 2 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
   conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
   particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la construction
   d'ateliers en ossature et charpente bois, la réalisation de leurs
   fondations, la mise en oeuvre des revêtements de sols et muraux, des
   plafonds suspendus et des menuiseries intérieures et extérieures
   V.1)Date d'attribution du marché:
   12.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 7
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Le Batiment Associe
   19 rue du Grand Pré, BP 19
   51140 Muizon
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 1 917 328,32 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 15 SAI 263 Lot nº: 3 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
   conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
   particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la mise en oeuvre de
   l'alimentation électrique des ateliers, des systèmes de chauffage par
   pompe à chaleur, de ventilations naturelles et mécaniques, de plomberie
   sanitaire et d'air comprimé
   V.1)Date d'attribution du marché:
   12.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Groupement Idex Energies SAS
   8 rue Mens, BP 80077
   55002 Bar-le-Duc Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 1 894 346,11 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n^o 15-123335, mise en ligne le 7.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51036 Châlons-en-Champagne
   E-mail: [8]greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
   Téléphone: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51036 Châlons-en-Champagne
   E-mail: [9]greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
   Téléphone: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Datenarchivierung - CZ-Prag
Datenarchivierung
Help-Desk und Unterstützungsdienste
Informationssysteme und Server
Dokument Nr...: 14673-2016 (ID: 2016011609035852512)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  CZ-Prag: Datenarchivierung
   2016/S 11/2016 14673
   eská republika  Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Sekce vyzbrojování
   a akvizic MO, Zu Händen von: Ing. Jan Kuík, Praha 160 00, TSCHECHISCHE
   REPUBLIK. Telefon: +420 973218151. E-Mail: kurikj@army.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 16.12.2015, [1]2015/S
   243-441039)
   Betr.:
   CPV:72252000, 72253000, 48800000
   Datenarchivierung
   Help-Desk und Unterstützungsdienste
   Informationssysteme und Server
   Anstatt:
   II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
   jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS  ISO 14 721:2003 (Open
   Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
   elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
   II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
   dnech: 90 (ode dne zadání zakázky)
   III.2.3) Technická zpsobilost:
   Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
   kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
   uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
   oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
   a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
   letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
   jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
   je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
   respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
   a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standardem OAIS  ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
   System) a standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO
   9001:2000 nebo obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
   Pílohou tohoto seznamu musí být:
    osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
   dodáno veejnému zadavateli,
    osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
   Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
   splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
   slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standard OAIS  ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
   System), podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a
   digitální spisovny na území R.
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   29.1.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   29.1.2016 (10:00)
   muss es heißen:
   II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
   jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS  ISO 14 721:2012 (Open
   Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
   elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
   II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
   dnech: 110 (ode dne zadání zakázky)
   III.2.3) Technická zpsobilost:
   Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
   kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
   uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
   oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
   a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
   letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
   jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
   je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
   respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
   a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standardem OAIS  ISO 14 721 (Open Archival Infomation System) a
   standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO 9001:2000 nebo
   obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
   Pílohou tohoto seznamu musí být:
    osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
   dodáno veejnému zadavateli,
    osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
   Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
   splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
   slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standard OAIS  ISO 14 721 (Open Archival Infomation System),
   podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a digitální
   spisovny na území R.
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   3.3.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   3.3.2016 (10:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441039-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 16/01/2016    S11    - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
   ízení
   eská republika-Praha: Poítaová archivace
   2016/S 011-014673
   eská republika  Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Sekce vyzbrojování
   a akvizic MO, K rukám: Ing. Jan Kuík, Praha 160 00, ESKÁ REPUBLIKA.
   Tel.: +420 973218151. E-mail: kurikj@army.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 16.12.2015, [1]2015/S
   243-441039)
   Pedmt:
   CPV:72252000, 72253000, 48800000
   Poítaová archivace
   Help desk a podprné sluby
   Informaní systémy a servery
   Namísto:
   II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
   jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS  ISO 14 721:2003 (Open
   Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
   elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
   II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
   dnech: 90 (ode dne zadání zakázky)
   III.2.3) Technická zpsobilost:
   Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
   kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
   uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
   oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
   a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
   letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
   jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
   je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
   respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
   a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standardem OAIS  ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
   System) a standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO
   9001:2000 nebo obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
   Pílohou tohoto seznamu musí být:
    osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
   dodáno veejnému zadavateli,
    osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
   Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
   splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
   slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standard OAIS  ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
   System), podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a
   digitální spisovny na území R.
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   29.1.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   29.1.2016 (10:00)
   tte:
   II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
   jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS  ISO 14 721:2012 (Open
   Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
   elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
   II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
   dnech: 110 (ode dne zadání zakázky)
   III.2.3) Technická zpsobilost:
   Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
   kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
   uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
   oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
   a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
   letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
   jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
   je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
   respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
   a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standardem OAIS  ISO 14 721 (Open Archival Infomation System) a
   standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO 9001:2000 nebo
   obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
   Pílohou tohoto seznamu musí být:
    osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
   dodáno veejnému zadavateli,
    osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
   Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
   Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
   splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
   slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
   trhu a standard OAIS  ISO 14 721 (Open Archival Infomation System),
   podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a digitální
   spisovny na území R.
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   3.3.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   3.3.2016 (10:00)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Metallwaren - FR-Colomiers
Metallwaren
Dokument Nr...: 1473-2016 (ID: 2016010509045138808)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  FR-Colomiers: Metallwaren
   2016/S 2/2016 1473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Colomiers
   1 place Alex Raymond, BP 30330
   Zu Händen von: M. le maire
   31776 Colomiers Cedex
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44316400
   Beschreibung
   Metallwaren.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sétin Quincaillerie
   D921 route d'Elbeuf
   27340 Martot
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   KDI
   173/179 bd Félix Faure
   93300 Aubervilliers
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Wurth
   ZI Ouest, rue Georges Besse
   67158 Erstein Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Barraque Peinture SAS
   3 avenue Édouard Serres
   31770 Colomiers
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Rexel
   6 place de l'Échut
   31770 Colomiers
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Infructueux
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Infructueux
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 15
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sider Chanteloiseau
   CS 30024
   33882 Villenave-d'Ornon Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 16
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   KDI
   173/179 bd Félix Faure
   93300 Aubervilliers
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 05/01/2016    S2    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Colomiers: Articles de quincaillerie
   2016/S 002-001473
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Colomiers
   1 place Alex Raymond, BP 30330
   À l'attention de: M. le maire
   31776 Colomiers Cedex
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Acquisition de fournitures pour l'entretien et la maintenance des
   bâtiments de la Ville de Colomiers.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Colomiers.
   Code NUTS FR62
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Acquisition de fournitures pour l'entretien et la maintenance des
   bâtiments de la Ville de Colomiers.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44316400
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 40
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   3. Délais et conditions de livraison. Pondération 20
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   AG15014
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 138-254294 du 21.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Outillage à main, quincaillerie et consommables
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 5
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Sétin Quincaillerie
   D921 route d'Elbeuf
   27340 Martot
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 2 - Intitulé: Fer et dérivés
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   KDI
   173/179 bd Félix Faure
   93300 Aubervilliers
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 4 - Intitulé: Produits chimiques
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Wurth
   ZI Ouest, rue Georges Besse
   67158 Erstein Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 6 - Intitulé: Peinture
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 5
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Barraque Peinture SAS
   3 avenue Édouard Serres
   31770 Colomiers
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 7 - Intitulé: Appareillage électrique, câbles et fils
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Rexel
   6 place de l'Échut
   31770 Colomiers
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 8 - Intitulé: Matériaux de construction
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Infructueux
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 11 - Intitulé: Faux plafonds
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Infructueux
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 15 - Intitulé: Plomberie petites fournitures
   V.1)Date d'attribution du marché:
   3.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 6
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Sider Chanteloiseau
   CS 30024
   33882 Villenave-d'Ornon Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 16 - Intitulé: Équipement de protection individuelle
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 6
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   KDI
   173/179 bd Félix Faure
   93300 Aubervilliers
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce n° 15-110305, mise en ligne le 16.7.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.12.2015.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Articles R
   421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de
   la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).
   Articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le
   référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la
   procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de
   pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de
   la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen - ES-Madrid
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Dokument Nr...: 14773-2016 (ID: 2016011609050152613)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  ES-Madrid: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
   2016/S 11/2016 14773
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Fundación Internacional y para Iberoamércia de Administración y
   Políticas Públicas
   Calle Beatriz de Bobadilla 18
   Kontaktstelle(n): Asesoría Jurídica
   28040 Madrid
   SPANIEN
   E-Mail: [4]juridico@fiiapp.org
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fiiapp.org
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30000000
   Beschreibung
   Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und
   Softwarepaketen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 8.2.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   8.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Spanisch. Englisch.
References
   4. mailto:juridico@fiiapp.org?subject=TED
   5. http://www.fiiapp.org/
OT: 16/01/2016    S11    - - Supplies - Contract notice - Open procedure
   Spain-Madrid: Office and computing machinery, equipment and supplies
   except furniture and software packages
   2016/S 011-014773
   Contract notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Fundación Internacional y para Iberoamércia de Administración y
   Políticas Públicas
   Calle Beatriz de Bobadilla 18
   Contact point(s): Asesoría Jurídica
   28040 Madrid
   SPAIN
   E-mail: [6]juridico@fiiapp.org
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]http://www.fiiapp.org
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Other: public sector foundation
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Supply computer equipment for the seaport cooperation project III-IV
   (SEACOP III-IV) (IFS/2014/352-450).
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Barbados, St Vincent and the Grenadines, Antigua and Barbuda, St Kitts
   and Nevis, Dominica, Grenada, St Lucia, Monserrat, British Virgin
   Islands, Anguilla, Trinidad and Tobago.
   NUTS code
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   The FIIAPP is looking to award a contract for the supply of IT
   equipment that will be used to build capacities in the abovementioned
   recipient countries.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   30000000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   180 000 VAT not included.
   Estimated value excluding VAT: 180 000 EUR
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   in days: 30 (from the award of the contract)
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   The awardee will have to create a guarantee equivalent to 5 % of the
   amount of the award. This guarantee will be created according to
   article 96 of RD 3/2001, of 14 November, which approves the TRLCSP.
   Likewise, proponents can choose within the final guarantee previously
   defined or a Standby that has the following requirements:
    At least 1 of the banking entities responsible for issuing the
   Standby must be authorized to operate in Spain.
    The value of this guarantee shall not be less than five percent (5 %)
   of the total of the contract value.
    Its validity shall be equal to the guaranteed contract term plus the
   contractual deadline for settlement of the contract.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: This contract can be awarded to Spanish or
   foreign legal persons, acting individually or under a joint venture
   agreement.
   The awarded companies must be legal persons whose objective or activity
   is directly linked with the subject-matter of the contract and they
   must have sufficient human and material resources to duly perform the
   contract.
   Non-EU companies must fulfil all requirements listed in Article 55 of
   RD 3/2001, of 14 November, which approves the TRLCSP.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: A copy of the financial statement accrediting
   sales of supplies by the bidding company of a minimum of 540 000 EUR in
   2013 and in 2014 (each year).
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   Accreditation to prove the company is able to provide technical
   services in the recipient countries (Barbados, St Vincent and the
   Grenadines, Antigua and Barbuda, St Kitts and Nevis, Dominica, Grenada,
   St Lucia, Monserrat, British Virgin Islands, Anguilla, Trinidad and
   Tobago), in order to resolve any technical fault with the supplied
   equipment. For this purpose, a letter will be submitted from the
   company providing the technical service certifying said contract.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   SYS/0010/16
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
   documents: 8.2.2016 - 12:00
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   8.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   Spanish. English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 24.2.2016
   Place:
   Sede FIIAPP  Calle Beatriz de Bobadilla 18.
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s): Project III-IV (SEACOP
   III-IV) (IFS/2014/352-450).
   VI.3)Additional information
   [8]http://fiiapp.org/en/servicios/
   referenece nr: SYS/0010/16.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Blutbeutel - SE-Umeå
Blutbeutel
Dokument Nr...: 14873-2016 (ID: 2016011609055552715)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  SE-Umeå: Blutbeutel
   2016/S 11/2016 14873
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Västerbottens läns landsting
   232100-0222
   Avdelning för upphandling
   Zu Händen von: Jessica Forssén
   SE-901 85 Umeå
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 90-7858589
   E-Mail: [4]jessica.forssen@vll.se
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.vll.se/upphandling
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.e-avrop.com/vll
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33141613
   Beschreibung
   Blutbeutel.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   23.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:jessica.forssen@vll.se?subject=TED
   5. http://www.vll.se/upphandling
   6. https://www.e-avrop.com/vll
   7. https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
   8. https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
OT: 16/01/2016    S11    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Umeå: Blodpåsar
   2016/S 011-014873
   Meddelande om upphandling
   Varor
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Västerbottens läns landsting
   232100-0222
   Avdelning för upphandling
   Att: Jessica Forssén
   SE-901 85 Umeå
   SVERIGE
   Telefon: +46 90-7858589
   E-post: [6]jessica.forssen@vll.se
   Internetadress(er):
   Upphandlande myndighet: [7]www.vll.se/upphandling
   Upphandlarprofil: [8]https://www.e-avrop.com/vll
   Elektronisk tillgång till information:
   [9]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
   Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar:
   [10]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=2797
   3
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
   kontaktpunkt(er)
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Hälso- och sjukvård
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: ja
   Norrbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Blodpåsar och komponentberedningsutrustning.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Varor
   Köp
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Umeå.
   NUTS-kod SE331
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.4)Information om ramavtal
   Ramavtal med flera aktörer
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Upphandlingen avser blodpåsar och komponentberedningsutrustning för
   Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Region
   Jämtland Härjedalen.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   33141613
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
   II.1.8)Delar
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
   kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
   eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   VLL 3-2016
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   23.2.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   VI.2)Information om EU-medel
   VI.3)Kompletterande information
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ultraschallanlage - RO-Cluj-Napoca
Ultraschallanlage
Medizinsoftwarepaket
Installation von bildgebenden Geräten
Dokument Nr...: 14973-2016 (ID: 2016011609065952807)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  RO-Cluj-Napoca: Ultraschallanlage
   2016/S 11/2016 14973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca
   Str. Victor Babes nr. 8
   Kontaktstelle(n): Biroul Achizitii
   Zu Händen von: ing. Budai Ioan, ec. Olimpia Maria Butnar
   400012 Cluj-Napoca
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 264597256 /2131
   E-Mail: [4]achizitii@umfcluj.ro
   Fax: +40 264430896
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.umfcluj.ro
   Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33112200, 48180000, 51411000
   Beschreibung
   Ultraschallanlage.
   Medizinsoftwarepaket.
   Installation von bildgebenden Geräten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 525 000 RON
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 23081
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medist Imaging & POC SRL
   Str. Ion Urdareanu nr. 34, sector 5
   050688 Bucuresti
   RUMÄNIEN
   E-Mail: [7]imaging@medist.ro
   Telefon: +40 214107026
   Internet-Adresse: [8]www.medist-imaging.ro
   Fax: +40 214107028
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 527 690 RON
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 525 000 RON
   ohne MwSt
References
   4. mailto:achizitii@umfcluj.ro?subject=TED
   5. http://www.umfcluj.ro/
   6. http://www.e-licitatie.ro/
   7. mailto:imaging@medist.ro?subject=TED
   8. http://www.medist-imaging.ro/
OT: 16/01/2016    S11    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
   deschis
   România-Cluj-Napoca: Ecograf
   2016/S 011-014973
   Anun de atribuire a contractului
   Produse
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca
   Str. Victor Babes nr. 8
   Punct(e) de contact: Biroul Achizitii
   În atenia: ing. Budai Ioan, ec. Olimpia Maria Butnar
   400012 Cluj-Napoca
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 264597256 /2131
   E-mail: [6]achizitii@umfcluj.ro
   Fax: +40 264430896
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa general a autoritii contractante: [7]www.umfcluj.ro
   Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv
   subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
   I.3)Activitate principal
   Educaie
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului
   1. Ecograf performant de varf;
   2. Soft pentru ecograf performant de varf;
   3. Ecograf performant;
   4. Soft pentru ecograf performant.
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Produse
   Cumprare
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca,
   municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj.
   Adresa exacta se va preciza la semnarea contractului.
   Cod NUTS RO113
   II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
   dinamic (SAD)
   II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   1. Ecograf performant de varf:
   Ecograf stationar, de inalta performanta conceput pentru examinari 2D
   si 4D, transtoracice si transesofagiene, ale sistemului cardiovascular
   adult, pediatric, neonatal, dar si pentru aplicatii abdominale,
   urologice, pentru obstetrica / ginecologie si parti moi, transcraniale,
   ecografie cu substanta de contrast, ecografie interventionala.
   2. Soft pentru ecograf performant de varf:
   Optiuni software active permanent, compatibile cu ecograful de varf
   pentru: caracterizarea cantitativa a miscarilor peretilor cordului,
   calculul fractiei de ejectie in mod automat, folosirea sondelor
   volumetrice.
   3. Ecograf performant:
   Ecograf stationar, de înalta performanta conceput pentru examinari
   transtoracice si transesofagiene, ale sistemului cardiovascular adult
   si a vaselor carotide, vertebrale si ale membrelor.
   4. Soft pentru ecograf performant:
   Optiuni software active permanent, compatibile cu ecocardiograful
   performant stationar pentru: caracterizarea cantitativa a miscarilor
   peretilor cordului, calculul fractiei de ejectie in mod automat,
   imagistica Strain si Strain Rate.
   II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   33112200, 48180000, 51411000
   II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): da
   II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   Valoare: 1 525 000 RON
   Fr TVA
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Deschis
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   S-a organizat o licitaie electronic: nu
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant
   11-2015
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   Anun de participare
   Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 138-254412 din 21.7.2015
   Seciunea V: Atribuirea contractului
   Contract nr: 23081 Denumire: Ecograf performant de varf, soft pentru
   ecograf performant de varf, ecograf performant, soft pentru
   V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
   26.11.2015
   V.2)Informaii privind ofertele
   Numrul de oferte primite: 1
   V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
   o decizie de atribuire a contractului
   Medist Imaging & POC SRL
   Str. Ion Urdareanu nr. 34, sector 5
   050688 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [10]imaging@medist.ro
   Telefon: +40 214107026
   Adres Internet: [11]www.medist-imaging.ro
   Fax: +40 214107028
   V.4)Informaii privind valoarea contractului
   Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
   Valoare: 1 527 690 RON
   Fr TVA
   Valoarea total final a contractului:
   Valoare: 1 525 000 RON
   Fr TVA
   V.5)Informaii privind subcontractarea
   Este posibil subcontractarea: nu
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: da
   Trimitere la proiect(e) i/sau program(e): Proiect cu finantare
   nerambursabila  Proiect POSDRU/179/3.2/S/152289.
   VI.2)Informaii suplimentare:
   În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu
   acelasi pret comisia va solicita clarificari prin inetermediul
   facilitatilor SEAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor
   documente ce vor contine o noua propunere financiara.
   VI.3)Ci de atac
   VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [12]office@cnsc.ro
   Telefon: +40 213104641
   Adres Internet: [13]http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / +40 218900745
   VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
   VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu  Oficiul
   Juridic
   Str. Victor Babes nr. 8
   400012 Cluj-Napoca
   ROMÂNIA
   E-mail: [14]gluminita@umfcluj.ro
   Telefon: +40 264597256-2188
   Fax: +40 264430896
   VI.4)Data expedierii prezentului anun:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittellösungen - PL-Kranik
Arzneimittellösungen
Dokument Nr...: 15073-2016 (ID: 2016011609081352906)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  PL-Kranik: Arzneimittellösungen
   2016/S 11/2016 15073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kraniku
   ul. Chopina 13
   Zu Händen von: Rafa Poleszak
   23-200 Kranik
   POLEN
   Telefon: +49 8251356
   E-Mail: [4]gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spzoz.krasnik.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33692000
   Beschreibung
   Arzneimittellösungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   PGF Urtica Sp. z o.o.
   ul. Krzemieniecka 120
   54-613 Wrocaw
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 135 036,46 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp z o.o.
   ul. Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 252 323,10 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Baxter Polska Sp. z o.o.
   ul. Kruczkowskiego 8
   00-380 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 188 922,96 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   ul. Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 453,54 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Unitrans Sp.j.
   ul. Borsucza 9
   05-410 Józefów-Michalin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 92 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Profarm PS Sp. z o.o.
   ul. Soneczna 96
   05-500 Stara Iwiczna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 43 730,56 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Anpharm S.A.
   ul. Annopol 6B
   03-236 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 027,40 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
   ul. Bonifraterska 17
   00-203 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 227 747,77 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
   Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Amgen Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 50
   02-672 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 107 163 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
References
   4. mailto:gtargosinski@spzoz.krasnik.pl?subject=TED
   5. http://www.spzoz.krasnik.pl/
OT: 16/01/2016    S11    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Kranik: Roztwory lecznicze
   2016/S 011-015073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kraniku
   ul. Chopina 13
   Osoba do kontaktów: Rafa Poleszak
   23-200 Kranik
   POLSKA
   Tel.: +49 8251356
   E-mail: [6]gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.spzoz.krasnik.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawa pynów infuzyjnych i leków dla SPZOZ Kranik.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Leki i pyny infuzyjne róne.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   33692000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 90
   2. Termin patnoci. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 203-368353 z dnia 20.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet I
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   PGF Urtica Sp. z o.o.
   ul. Krzemieniecka 120
   54-613 Wrocaw
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 135 036,46 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet II
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp z o.o.
   ul. Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 252 323,10 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Pakiet III
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Baxter Polska Sp. z o.o.
   ul. Kruczkowskiego 8
   00-380 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 188 922,96 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Pakiet IV
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   ul. Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 6 453,54 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Pakiet V
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Unitrans Sp.j.
   ul. Borsucza 9
   05-410 Józefów-Michalin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 92 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Pakiet VI
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Profarm PS Sp. z o.o.
   ul. Soneczna 96
   05-500 Stara Iwiczna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 43 730,56 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Pakiet VII
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Anpharm S.A.
   ul. Annopol 6B
   03-236 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 5 027,40 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Pakiet VIII
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
   ul. Bonifraterska 17
   00-203 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 227 747,77 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 9 Cz nr: 9 - Nazwa: Pakiet IX
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Amgen Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 50
   02-672 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 107 163 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 12
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen - RO-Arad
Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
Dokument Nr...: 15173-2016 (ID: 2016011609090153010)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  RO-Arad: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
   2016/S 11/2016 15173
   Serviciul de Ambulanta Judetean Arad, Str. Oituz nr. 1-5, Serviciul
   Achizitii, Zu Händen von: Hamza Florina, Arad 310038, RUMÄNIEN.
   Telefon: +40 755113811. Fax: +40 257233144. E-Mail: aradsaj@gmail.com
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 13.1.2016, [1]2016/S
   008-010041)
   Betr.:
   CPV:50110000, 34300000, 71631200
   Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
   Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
   Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 13.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010041-2016:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 16/01/2016    S11    - - Servicii - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Arad: Servicii de reparare i de întreinere a autovehiculelor
   i a echipamentelor conexe
   2016/S 011-015173
   Serviciul de Ambulanta Judetean Arad, Str. Oituz nr. 1-5, Serviciul
   Achizitii, În atenia: Hamza Florina, Arad 310038, ROMÂNIA. Telefon:
   +40 755113811. Fax: +40 257233144. E-mail: aradsaj@gmail.com
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 13.1.2016,
   [1]2016/S 008-010041)
   În ceea ce privete:
   CPV:50110000, 34300000, 71631200
   Servicii de reparare i de întreinere a autovehiculelor i a
   echipamentelor conexe
   Piese i accesorii pentru vehicule i pentru motoare de vehicule
   Servicii de inspecie tehnic a automobilelor
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
   Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 13.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - FR-Perpignan
Reinigungsdienste
Reinigungs- und Hygienedienste
Büroreinigung
Dokument Nr...: 15273-2016 (ID: 2016011609100353106)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Perpignan: Reinigungsdienste
   2016/S 11/2016 15273
   OPH Perpignan Méditerranée, 113 boulevard Aristide Briand, CS 90349, Zu
   Händen von: M. Maréchaux Philippe, Perpignan Cedex 66863, FRANKREICH.
   Telefon: +33 468662987. Fax: +33 468662983. E-Mail:
   marchespublics@oph-perpignan.com
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 22.12.2015, [1]2015/S
   247-449929)
   Betr.:
   CPV:90910000, 90900000, 90919200
   Reinigungsdienste
   Reinigungs- und Hygienedienste
   Büroreinigung
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
   Der Auftrag wird möglicherweise Gegenstand einer neuen Veröffentlichung
   sein
   Weitere zusätzliche Informationen
   Procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, le besoin
   du pouvoir adjudicateur devant être redéfini, notamment en ce qui
   concerne la répartition du patrimoine et des lots.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce
   n^o 15-189587, mise en ligne le 18.12.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449929-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Informations complémentaires -
   Procédure ouverte
   France-Perpignan: Services de nettoyage
   2016/S 011-015273
   OPH Perpignan Méditerranée, 113 boulevard Aristide Briand, CS 90349, À
   l'attention de: M. Maréchaux Philippe, Perpignan Cedex 66863, FRANCE.
   Téléphone: +33 468662987. Fax: +33 468662983. E-mail:
   marchespublics@oph-perpignan.com
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.12.2015,
   [1]2015/S 247-449929)
   Objet:
   CPV:90910000, 90900000, 90919200
   Services de nettoyage
   Services de nettoyage et d'hygiène
   Services de nettoyage de bureaux
   Procédure incomplète
   La procédure de passation a été interrompue
   Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication
   Autres informations complémentaires
   Procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, le besoin
   du pouvoir adjudicateur devant être redéfini, notamment en ce qui
   concerne la répartition du patrimoine et des lots.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce
   n^o 15-189587, mise en ligne le 18.12.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels - FR-Bauge-en-Anjou
Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
Dokument Nr...: 15373-2016 (ID: 2016011609105753206)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Bauge-en-Anjou: Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
   2016/S 11/2016 15373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hôpital du Baugeois et de la Vallée
   9 chemin de Rancan Bauge
   Zu Händen von: Mme Pesce Christine, directeur par interim
   49150 Bauge-en-Anjou
   FRANKREICH
   Telefon: +33 241841384
   E-Mail: [4]cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr
   Fax: +33 241575010
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.klekoon.com
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   55000000
   Beschreibung
   Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des
   Einzelhandels.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   10.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr?subject=TED
   5. http://www.klekoon.com/
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   France-Bauge-en-Anjou: Services d'hôtellerie, de restauration et de
   commerce au détail
   2016/S 011-015373
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Hôpital du Baugeois et de la Vallée
   9 chemin de Rancan Bauge
   À l'attention de: Mme Pesce Christine, directeur par interim
   49150 Bauge-en-Anjou
   FRANCE
   Téléphone: +33 241841384
   E-mail: [6]cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr
   Fax: +33 241575010
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.klekoon.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Prestation de restauration collective concédée pour les Etablissements
   de Santé Baugeois Vallée.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 17: Services d'hôtellerie et de restauration
   Code NUTS FR512
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La présente consultation a pour objet de confier à un prestataire les
   prestations d'approvisionnement, de gestion et d'assistance technique
   du service restauration des Etablissements de Santé Baugeois Vallée. Il
   est passé pour une période ferme de 21 mois allant du 1er juin 2016 au
   28 février 2018, reconductible 2 fois par période de 12 mois.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   55000000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   II.2.2)Information sur les options
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Début 1.6.2016. Fin 28.2.2018
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Néant.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Le financement du présent marché sera effectué sur le budget de
   fonctionnement des Etablissements de Santé Baugeois Vallée.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Certificats établis par des services chargés du contrôle
   de la qualité et habilités à attester de la conformité des fournitures
   par des références à certaines spécifications techniques.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Attestation d'assurance pour les risques professionnels;
   Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
   l'importance du personnel d'encadrement au cours des trois dernières
   années.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Liste des principales fournitures ou principaux services effectués au
   cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
   destinataire.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Qualité des repas servis. Pondération 40
   2. Performances en matière de développement durable. Pondération 5
   3. Assistance technique. Pondération 15
   4. Coût global de la prestation. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   2016-AO-05
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   10.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est
   téléchargeable gratuitement à partir du lien suivant:
   [8]http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.a
   sp?consultation_ID=58834.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée de l'Ile-Gloriette CS 24111
   44041 Nantes Cedex
   E-mail: [9]greffe.ta-nantes@juradm.fr
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen - PL-ód
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 15473-2016 (ID: 2016011609115553308)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  PL-ód: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
   2016/S 11/2016 15473
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania  ód Sp. z o.o.
   ul. Tokarzewskiego 2
   Zu Händen von: Rafa Krogulecki
   91-842 ód
   POLEN
   Telefon: +42 6160414
   E-Mail: [4]przetargi@mpolodz.pl
   Fax: +42 6160751
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mpolodz.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   Beschreibung
   Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   24.2.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:przetargi@mpolodz.pl?subject=TED
   5. http://www.mpolodz.pl/
OT: 16/01/2016    S11    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-ód: Usugi zwizane z odpadami
   2016/S 011-015473
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania  ód Sp. z o.o.
   ul. Tokarzewskiego 2
   Osoba do kontaktów: Rafa Krogulecki
   91-842 ód
   POLSKA
   Tel.: +42 6160414
   E-mail: [6]przetargi@mpolodz.pl
   Faks: +42 6160751
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mpolodz.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   rodowisko
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Przetarg nieograniczony na usug odbioru i zagospodarowania odpadów o
   kodzie 19 12 12  balast luzem.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kod NUTS PL113
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
   przetwarzania  odzysku odpadów wytworzonych w procesie sortowania
   zmieszanych odpadów komunalnych w iloci do 16000 Mg w trakcie trwania
   umowy z moliwoci zmniejszenia tej iloci do 50 %. Odpady, które
   stanowi przedmiot zamówienia to odpady o kodzie 19 12 12 (Inne odpady
   (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
   odpadów inne ni wymienione w 19 12 11), frakcja luna powyej 80 mm.
   Odpady te posiadaj posta sta. Odpady przekazywane do
   zagospodarowania bd transportowane przez Wykonawc na jego koszt.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90500000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   II.2.2)Informacje o opcjach
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Okres w miesicach: 8 (od udzielenia zamówienia)
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Oferta skadana przez wykonawc musi by zabezpieczona wadium w
   wysokoci 25 000 PLN (sownie: dwadziecia pi tysicy z.)
   Dopuszczalne formy wadium:
    Pienidz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajcego).
    Porczenia bankowe lub porczenia spódzielczej kasy oszczdnociowo
    kredytowej, z tym, e porczenie kasy jest zawsze porczeniem
   pieninym
    Gwarancje bankowe
    Gwarancje ubezpieczeniowe
    Porczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
   pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
   Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z pón. zm.).
   Wadium w formie pieninej wykonawca wpaci przelewem na konto
   zamawiajcego w: Bank Pekao SA III O/ód nr
   21124030601111000034523764.
   Wadium w pozostaych formach naley zoy w oryginale w oddzielnej
   kopercie razem z ofert z oznaczeniem  Wadium .
   Kserokopi potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieninej lub
   kserokopi wadium wniesionego w formie innej ni pienina naley
   doczy do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowaln form wadium
   zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wykonawca, który nie wniesie
   wadium zostanie wykluczony z postpowania.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy:
   Posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci w zakresie
   objtym przedmiotem zamówienia.
    Aktualne pozwolenie do prowadzenia dziaalnoci w zakresie transportu
   odpadów o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i
   przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 191211)
   w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 nr 0
   poz. 21 z pó. zm.)), wasne lub podwykonawcy
    Pozwolenie  decyzja na przetwarzanie  odzysk obejmujce pen ilo
   przyjtych od Zamawiajcego odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady (w
   tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
   inne ni wymienione w 19 12 11).
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy znajduj si w
   sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Kady wykonawca
   musi posiada opacon polis OC w zakresie prowadzonej dziaalnoci na
   minimum 1 000 000 PLN.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy dysponuj odpowiednim
   dowiadczeniem zapewniajcym naleyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   1 Kady wykonawca musi wykaza w wykazie usugi zrealizowane, w okresie
   ostatnich 3 lat przed terminem zoenia ofert, a jeli okres
   dziaalnoci jest krótszy, w tym okresie, gówne usugi w rozumieniu §1
   ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 r. w
   sprawie rodzajów dokumentów, jakie moe da zamawiajcy, oraz form, w
   jakich te dokumenty mog by skadane, polegajce na wykonywaniu usug
   odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym wykonaniem minimum co
   najmniej 1 usugi zagospodarowania odpadów w iloci co najmniej 15 000
   Mg, o kodzie 191212 (inne odpady w tym zmieszane substancje i
   przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 191211)
   wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem zoenia ofert a
   jeli okres dziaalnoci jest krótszy, w tym okresie.
   Przez sformuowanie usuga, Zamawiajcy rozumie zrealizowanie jednej
   usugi dla jednego Zamawiajcego/Zlecajcego.
   2 Kady wykonawca musi wskaza czy w okresie ostatnich 3 lat przed
   terminem zoenia ofert, wystpiy usugi niewykonane lub wykonane
   nienaleycie, w rozumieniu §1 ust. 4 rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie moe
   da zamawiajcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane.
   3 Zamawiajcy uzna, e powyszy warunek udziau w postpowaniu jest
   speniony a Wykonawca gwarantuje naleyte wykonanie udzielanego
   zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawc usugi wykona lub
   wykonuje naleycie.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena. Waga 90
   2. Termin patnosci. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   ZP/02/2016
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Dokumenty odpatne: nie
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   24.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   Okres w miesicach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 24.2.2016
   Miejscowo:
   ód.
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Wartung von Aufzugsanlagen - FR-Argenteuil
Wartung von Aufzugsanlagen
Installation von Aufzügen und Rolltreppen
Dokument Nr...: 15573-2016 (ID: 2016011609130053420)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Argenteuil: Wartung von Aufzugsanlagen
   2016/S 11/2016 15573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   AB Habitat- OPH d'Argenteuil-Bezons
   39 boulevard Léon Feix
   Kontaktstelle(n): Service marchés
   95100 Argenteuil
   FRANKREICH
   Telefon: +33 134235174
   E-Mail: [4]s-marches@ab-habitat.fr
   Fax: +33 134235126
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]https://www.ab-habitat.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
   5_PEAf1gZD4N
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50750000, 45313000
   Beschreibung
   Wartung von Aufzugsanlagen.
   Installation von Aufzügen und Rolltreppen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015037 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Otis
   Patrimoine public et social, 1 route du port de Gennevilliers
   92110 Clichy-la-Garenne
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:s-marches@ab-habitat.fr?subject=TED
   5. https://www.ab-habitat.fr/
   6. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_PEAf1gZD4N
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Argenteuil: Services d'entretien d'ascenseurs
   2016/S 011-015573
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   AB Habitat- OPH d'Argenteuil-Bezons
   39 boulevard Léon Feix
   Point(s) de contact: Service marchés
   95100 Argenteuil
   FRANCE
   Téléphone: +33 134235174
   E-mail: [6]s-marches@ab-habitat.fr
   Fax: +33 134235126
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]https://www.ab-habitat.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
   5_PEAf1gZD4N
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Prestations d'entretien, maintenance et dépannage, et travaux de
   réparation, rénovation et mise en conformité des ascenseurs sur
   l'ensemble des résidences du patrimoine d'AB Habitat.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Prestations d'entretien, maintenance et dépannage, et travaux de
   réparation, rénovation et mise en conformité des ascenseurs sur
   l'ensemble du patrimoine immobilier d'AB Habitat (nombre actuel
   d'appareils: 317 ascenseurs et monte-charges). Le marché comprend 2
   lots techniques: lot 1  entretien, maintenance et dépannage des
   ascenseurs; lot 2  travaux de réparation, rénovation, modernisation et
   mise en conformité des ascenseurs. Il inclut des prestations sur
   forfait pour le lot n° 1 et des prestations réalisées, en fonction des
   besoins, sur bons de commande et rémunérées par l'application de prix
   unitaires (lots n° 1 et n° 2).
   Pour information, au vu du volume des travaux réalisés les années
   précédentes, le montant prévisionnel des commandes, est de 400 000 EUR
   (HT). Par an. Ce montant est uniquement indicatif, en aucun cas AB
   Habitat ne s'engage à passer des commandes à hauteur de ce montant.
   Le marché prend effet à compter de la date suivante:
    soit le 1.1.2016,
    soit à la date de notification si celle-ci est postérieure au
   1.1.2016.
   Le marché est conclu pour une période allant de la date d'effet du
   marché jusqu'au 31.12.2019, sauf résiliation à l'issue de la première
   année, notifiée au titulaire au moins 3 mois avant la date du
   31.12.2016.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   50750000, 45313000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Qualité de l'offre. Pondération 60
   2. Prix de l'offre. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 175-318296 du 10.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015037 Lot nº: 1 - Intitulé: Prestations d'entretien,
   maintenance et dépannage, et travaux de réparation, rénovation et mise
   en conformité des ascenseurs sur l'ensemble du patrimoine immobilier
   d'AB Habita
   V.1)Date d'attribution du marché:
   30.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Otis
   Patrimoine public et social, 1 route du port de Gennevilliers
   92110 Clichy-la-Garenne
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Les modalités de consultation du contrat, dans le respect des secrets
   protégés par la loi, sont les suivantes: consultation dans les locaux
   du Siège d'AB Habitat, après rendez-vous fixé sur demande écrite
   (courrier/fax/mail) adressée au service Marchés (cf. adresse supra).
   Selon les cas, l'avis de la CADA sur la communicabilité de certaines
   informations pourra être sollicité
   Montant du marché: 475 001 EUR par an (partie forfaitaire)  Partie à
   bons de commande sans minimum, ni maximum.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce no 15-136359, mise en ligne le 7.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
   2-4 boulevard de l'Hautil, BP 322
   95027 Cergy-Pontoise
   E-mail: [10]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
   Téléphone: +33 130173400
   Fax: +33 130173459
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
   2-4 boulevard de l'Hautil, BP 322
   95027 Cergy-Pontoise
   E-mail: [11]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
   Téléphone: +33 130173400
   Fax: +33 130173459
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bearbeitung und Clearing - FR-Andernos-les-Bains
Bearbeitung und Clearing
Dokument Nr...: 15673-2016 (ID: 2016011609140153517)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Andernos-les-Bains: Bearbeitung und Clearing
   2016/S 11/2016 15673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   CDC Bassin d'Arcachon Nord
   46 avenue des Colonies
   Zu Händen von: M. le président
   33510 Andernos-les-Bains
   FRANKREICH
   Telefon: +33 557761717
   E-Mail: [4]contact@coban-atlantique.fr
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]https://marchespublics-aquitaine.org
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66133000
   Beschreibung
   Bearbeitung und Clearing.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 201512SE001
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Le Chèque Déjeuner
   27/29 avenue deS Louvresses
   92234 Gennevilliers
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:contact@coban-atlantique.fr?subject=TED
   5. https://marchespublics-aquitaine.org/
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Andernos-les-Bains: Services de traitement d'opérations et
   services de compensation
   2016/S 011-015673
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   CDC Bassin d'Arcachon Nord
   46 avenue des Colonies
   À l'attention de: M. le président
   33510 Andernos-les-Bains
   FRANCE
   Téléphone: +33 557761717
   E-mail: [6]contact@coban-atlantique.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]https://marchespublics-aquitaine.org
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Émission de titres restaurant.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6b:
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché a pour objet l'émission et la mise à disposition par
   le prestataire de titres de restauration, sur support papier, auprès de
   la COBAN Atlantique.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66133000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Rémunération du prestataire. Pondération 60
   2. Services proposés aux salariés: Conditions de reprise des tickets
   anciens, détériorés et volés, avantages auprès d'enseignes partenaires,
   services supplémentaires. Pondération 20
   3. Critère environnemental: effort de l'entreprise concernant la prise
   en compte du développement durable: papier et emballage utilisés /10
   (la note maximale sera attribuée si le papier est entièrement recyclé),
   certification, démarche qualité, utilisation d'encre respectueuses de
   l'environnement /10.. Pondération 20
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015TRE
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 204-370814 du 21.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 201512SE001 Intitulé: Émission de titres restaurant
   V.1)Date d'attribution du marché:
   28.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Le Chèque Déjeuner
   27/29 avenue deS Louvresses
   92234 Gennevilliers
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-159152, mise en ligne le 19.10.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux Cedex
   E-mail: [9]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif interrégional de règlement amiable des marchés
   publics
   4b esplanade Charles de Gaulle
   33077 Bordeaux Cedex
   Téléphone: +33 556906530
   Fax: +33 556906500
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux Cedex
   E-mail: [10]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556906500
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - FR-Flers
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Bleifreies Benzin
Dieselkraftstoff
Heizöl
Dokument Nr...: 1573-2016 (ID: 2016010509061238903)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  FR-Flers: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
   2016/S 2/2016 1573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Flers
   5 avenue du Château, CS 70229
   Kontaktstelle(n): Accueil de la mairie de Flers
   Zu Händen von: Anick Prével
   61104 Flers Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 233646600
   E-Mail: [4]infos@mairie-flers61.fr
   Fax: +33 233646633
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.centraledesmarches.com
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [6]http://www.centraledesmarches.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09000000, 09132100, 09134200, 09135100
   Beschreibung
   Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
   Energiequellen.
   Bleifreies Benzin.
   Dieselkraftstoff.
   Heizöl.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 055
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   La SAS Compagnie Pétrolière de l'ouest
   11 route de Pompierre
   44186 Nantes Cedex 4
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:infos@mairie-flers61.fr?subject=TED
   5. http://www.centraledesmarches.com/
   6. http://www.centraledesmarches.com/
OT: 05/01/2016    S2    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Flers: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres
   sources d'énergie
   2016/S 002-001573
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Flers
   5 avenue du Château, CS 70229
   Point(s) de contact: Accueil de la mairie de Flers
   À l'attention de: Anick Prével
   61104 Flers Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 233646600
   E-mail: [6]infos@mairie-flers61.fr
   Fax: +33 233646633
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.centraledesmarches.com
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [8]http://www.centraledesmarches.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Produits Pétroliers Raffinés Liquides  approvisionnement 2016.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Divers sites, 61100 Flers.
   Code NUTS FR253
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture de fioul domestique pour le chauffage des bâtiments
   communaux et de carburants pour les véhicules municipaux (gazole,
   gazole non routier, super sans plomb 95 et 98, additif).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   09000000, 09132100, 09134200, 09135100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 172-312495 du 5.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 055 Intitulé: Fourniture de fioul domestique pour le
   chauffage des bâtiments communaux et de carburants pour les véhicules
   municipaux (gazole, gazole non routier, super sans plomb 95 et 98,
   additif)
   V.1)Date d'attribution du marché:
   24.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   La SAS Compagnie Pétrolière de l'ouest
   11 route de Pompierre
   44186 Nantes Cedex 4
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Les montants minimum et maximum ont été arrêtés comme suit:
    minimum: 300 000 EUR HT
    maximum: 1 200 000 EUR (HT).
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce n^o 15-134163, mise en ligne le 3.9.2015
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Caen
   3 rue Arthur le Duc
   14050 Caen Cedex
   E-mail: [10]greffe.ta-caen@juradm.fr
   Téléphone: +33 231707272
   Fax: +33 231524217
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   greffe du Tribunal administratif de Caen
   3 rue Arthur le Duc
   14050 Caen Cedex
   E-mail: [11]greffe.ta-caen@juradm.fr
   Téléphone: +33 231707272
   Fax: +33 231524217
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Überlassung von Bürokräften - NL-Den Haag
Überlassung von Bürokräften
Dokument Nr...: 15773-2016 (ID: 2016011609151453618)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  NL-Den Haag: Überlassung von Bürokräften
   2016/S 11/2016 15773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   DMO
   Postbus 90822, MPC 58A
   Kontaktstelle(n): DMO afd. Verwerving cluster Diensten
   2509 LV Den Haag
   NIEDERLANDE
   E-Mail: [4]Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.defensie.nl/dmo
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79621000
   Beschreibung
   Überlassung von Bürokräften.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 232 440 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Caesar Groep
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 232 440 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl?subject=TED
   5. http://www.defensie.nl/dmo
OT: 16/01/2016    S11    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van
   kantoorpersoneel
   2016/S 011-015773
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   DMO
   Postbus 90822, MPC 58A
   Contactpunt(en): DMO afd. Verwerving cluster Diensten
   2509 LV Den Haag
   NEDERLAND
   E-mail: [6]Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]www.defensie.nl/dmo
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of
   plaatselijke onderverdelingen ervan
   I.3)Hoofdactiviteit
   Defensie
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   4300060027 Sr Systeemontwikkelaar.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 22: Diensten voor plaatsing van personeel en
   personeelsverschaffing
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Utrecht.
   NUTS-code NL
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft een opdracht (opdrachten) gebaseerd op een
   dynamisch aankoopsysteem (DAS)
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   4300060027 Sr Systeemontwikkelaar.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   79621000
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   neen
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Waarde: 232 440 EUR
   Met btw. Btw-tarief (%) 21
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Prijs. Weging 30
   2. Kwaliteit. Weging 30
   3. Beschikbaarheid. Weging 10
   4. Match. Weging 30
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   4300060027
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   neen
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   Perceel nr: 1 - Titel: 4300060027 Sr Systeemontwikkelaar
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   1.1.2015
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Caesar Groep
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   Totale definitieve waarde van de opdracht:
   Waarde: 232 440 EUR
   Met btw. Btw-tarief (%) 21
   In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
   Aantal jaar: 1
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   Inkoop IT maakt gebruik van het recht recht op de optie op verlenging.
   Nieuwe periode: 1.1.2016 t/m 31.12.2016.
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenverarbeitungsdienste - FR-Niort
Datenverarbeitungsdienste
Dokument Nr...: 15873-2016 (ID: 2016011609160753717)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Niort: Datenverarbeitungsdienste
   2016/S 11/2016 15873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Commune de Niort
   1 place Martin Bastard, CS 58755
   Zu Händen von: Le maire ou son adjoint délégué
   79027 Niort
   FRANKREICH
   E-Mail: [4]marchespublics@mairie-niort.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.vivre-a-niort.com
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.achatpublic.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72500000
   Beschreibung
   Datenverarbeitungsdienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 95 444,16 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 15165B014
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Berger Levrault SA
   64 rue Jean Rostand
   31670 Labège
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 95 444,16 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:marchespublics@mairie-niort.fr?subject=TED
   5. http://www.vivre-a-niort.com/
   6. http://www.achatpublic.com/
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Niort: Services informatiques
   2016/S 011-015873
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Commune de Niort
   1 place Martin Bastard, CS 58755
   À l'attention de: Le maire ou son adjoint délégué
   79027 Niort
   FRANCE
   E-mail: [6]marchespublics@mairie-niort.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://www.vivre-a-niort.com
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.achatpublic.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Tierce maintenance applicative et développement des logiciels Sedit
   gestion ressources humaines, Sedit gestion finances, Atal II et AsWeb.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 7: Services informatiques et services connexes
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Niort, 79000.
   Code NUTS FR533
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Tierce maintenance applicative et développement des logiciels Sedit
   gestion ressources humaines, Sedit gestion finances, Atal II et AsWeb.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   72500000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 95 444,16 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   DSIT 2015-61
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 15165B014 Intitulé: Tierce maintenance applicative et
   développement des logiciels Sedit gestion ressources humaines, Sedit
   gestion finances, Atal II et AsWeb
   V.1)Date d'attribution du marché:
   10.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Berger Levrault SA
   64 rue Jean Rostand
   31670 Labège
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 95 444,16 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Les contrats sont consultables dans les locaux de la collectivité. Cet
   avis vaut publicité de la décision de signer.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal Administratif de Poitiers
   15 r de Blossac, BP 541
   86020 Poitiers
   Organe chargé des procédures de médiation
   comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
   relatifs aux marchés publics de Bordeaux
   4 b esplanade Charles de Gaulle
   33077 Bordeaux
   Téléphone: +33 556906530
   Fax: +33 556906500
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Poitiers
   15 r de Blossac, BP 541
   86020 Poitiers
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke - FR-Nizza
Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
CNC-Drehmaschine
Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung
Installation von Werkzeugmaschinen
Dokument Nr...: 15973-2016 (ID: 2016011609164853818)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Nizza: Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
   2016/S 11/2016 15973
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Métropole Nice Côte d'Azur
   455 promenade des Anglais
   Zu Händen von: M. le président de la Métropole Nice Côte d'Azur
   06364 Nice Cedex 4
   FRANKREICH
   Telefon: +33 489981033
   E-Mail: [4]dao@nicecotdazur.org
   Fax: +33 489981000
   Weitere Auskünfte erteilen: uniquement par la plateforme ou par mail à:
   [5]marches.tramway@nicecotedazur.org / [6]dao@nicecotedazur.org
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: métropole Nice
   Côte d'azur  direction tramway  direction administrative et
   financière (Uniquement RC, Dc1 et Dc2), 455 promenade des anglais  le
   plaza, F-06364 Nice Cedex 4. Tél. (+33) 4 89 98 17 30. Fax (+33) 4 89
   98 17 75
   Internet-Adresse: [7]http://www.e-marches06.fr
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: métropole Nice Côte
   d'azur  direction des contrats publics / marchés publics, 45 rue
   gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4
   Internet-Adresse: [8]http://www.e-marches06.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   42611000, 42621100, 42632000, 51530000
   Beschreibung
   Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke.
   CNC-Drehmaschine.
   Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung.
   Installation von Werkzeugmaschinen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 11.2.2016 - 16:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   11.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:dao@nicecotdazur.org?subject=TED
   5. mailto:marches.tramway@nicecotedazur.org?subject=TED
   6. mailto:dao@nicecotedazur.org?subject=TED
   7. http://www.e-marches06.fr/
   8. http://www.e-marches06.fr/
OT: 16/01/2016    S11    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   négociée
   France-Nice: Machines-outils à usage spécifique
   2016/S 011-015973
   Avis de marché  secteurs spéciaux
   Fournitures
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Métropole Nice Côte d'Azur
   455 promenade des Anglais
   À l'attention de: M. le président de la Métropole Nice Côte d'Azur
   06364 Nice Cedex 4
   FRANCE
   Téléphone: +33 489981033
   E-mail: [6]dao@nicecotdazur.org
   Fax: +33 489981000
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: uniquement par la plateforme ou par mail à:
   [7]marches.tramway@nicecotedazur.org / [8]dao@nicecotedazur.org
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un système
   dacquisition dynamique) peuvent être obtenus: métropole Nice Côte
   d'azur  direction tramway  direction administrative et financière
   (Uniquement RC, Dc1 et Dc2), 455 promenade des anglais  le plaza,
   F-06364 Nice Cedex 4. Tél. (+33) 4 89 98 17 30. Fax (+33) 4 89 98 17 75
   Adresse internet: [9]http://www.e-marches06.fr
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: métropole Nice Côte d'azur  direction des contrats publics /
   marchés publics, 45 rue gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4
   Adresse internet: [10]http://www.e-marches06.fr
   I.2)Activité principale
   Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
   d'autobus
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
   adjudicatrices: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché par lentité adjudicatrice:
   Extension du reseau tramway de nice  equipements dépôt  eqd01: tour
   en fosse.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Territoire de la Métropole Nice Côte
   d'azur.
   Code NUTS FR823
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché
   négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application
   des articles 144 I 1, 165 et 166 du Code des Marchés Publics.
   Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la
   fabrication, les fournitures, l'installation, les essais et mises en
   service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de
   rechange, documentation...) du tour en fosse et de ses accessoires.
   le tour en fosse pour le reprofilage des roues de tramway comprend
   notamment:
    un tour à reprofiler avec l'ensemble de ses accessoires,
    un système de halage du tramway par « Stinger »,
    un broyeur à copeaux,
    un convoyeur de transfert des copeaux,
    une benne de récupération des copeaux,
    un équipement de mesure et de contrôle.
   l'ensemble des équipements sera installé sur la voie de reprofilage
   située dans l'atelier du centre de maintenance Nikaïa.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   42611000, 42621100, 42632000, 51530000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Information sur les lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 17 mois
   le marché ne sera pas reconduit.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options:  Des avenants et/ou des marchés
   complémentaires et/ou des prestations similaires (articles 144 II 6 et
   144 II 7 du code des marchés publics) pourront être conclus, dans le
   respect des seuils de mise en concurrence fixés par le code des marchés
   publics.
    Des décisions de poursuivre pourront intervenir.
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de
   paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
    financement du marché: fonds propres / emprunts / subventions.
    modalités de règlement des prestations: selon les règles de la
   comptabilité publique et celles prévues par le Code des Marchés Publics
   et par mandat administratif.
    délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception de la
   facture.
    comptable assignataire: M. L'Administrateur des finances publiques.
    prix: révisables.
    avance: sauf renoncement du titulaire à l'acte d'engagement, une
   avance de 10 % sera versée dans les conditions de l'article 87 du Code
   des Marchés Publics.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Solidaire.
   III.1.4)Autres conditions particulières:
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:  Lettre de candidature (Dc1 mis à jour au 25/08/2014)
   ou équivalent: elle devra être complétée, datée et signée.
    Déclaration du candidat (Dc2 mis à jour au 15/09/10) ou équivalent,
   complétée.
    Pouvoirs: les documents relatifs aux pouvoirs des personnes
   habilitées à engager le candidat, si le signataire n'est pas le
   représentant légal.
   la production de ces documents est obligatoire. A défaut, le candidat
   ne pourra être admis à participer à la suite de la procédure.
   Les candidats doivent également veiller à ce que les pouvoirs soient en
   cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant
   inférieur à l'offre qui sera proposée.
   Par ailleurs, en cas de groupement solidaire d'entreprises, les
   pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas être
   limités à un montant inférieur à l'offre globale du groupement.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:  Chiffres d'affaires: déclaration concernant le chiffre
   d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices
   disponibles et la part de chiffre d'affaires concernant les
   fournitures, installation et mise en service de tour en fosse.
   capacité financière minimale exigée:
   Au vu de l'importance du chantier, seront éliminés les candidats ne
   justifiant pas d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois (3)
   dernières années, supérieur ou égal à 1,6 million d'euros.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:  Liste des principales fournitures: présentation d'une
   liste des principales fournitures effectuées au cours des trois
   dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
   public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du
   destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
   économique.
    Titre d'études: indication des titres d'études et professionnels de
   l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment
   des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
   de même nature que celle du marché.
    Déclaration concernant l'outillage: déclaration indiquant
   l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
   dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
   le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document
   considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est
   objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements
   demandés relatifs à sa capacité.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée
   Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
   de certains types de procédures négociées): non
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à confirmer lintérêt ou dans linvitation à présenter une
   offre ou à négocier
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   NCA-15-0772
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions dobtention du cahier des charges et des documents
   complémentaires (sauf pour un SAD)
   Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
   aux documents: 11.2.2016 - 16:00
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   11.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.6)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.7)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires:
   1/ Sélection des candidatures
   La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions
   prévues aux articles 142 et 52 du code des marchés publics en prenant
   en compte les éléments demandés à l'article Présentation des
   candidatures du présent règlement.
   En fonction de ces critères, seront éliminés à l'issue de la phase de
   d'analyse des candidatures les candidats n'ayant pas produit les
   garanties, capacités et références suffisantes.
   L'Entité adjudicatrice a décidé de ne pas limiter le nombre de
   candidats qui seront admis à présenter une offre.
   Les candidats retenus recevront une lettre de consultation avec le
   dossier de consultation.
   2/jugement des offres
   Les critères de jugement des offres, ainsi que le déroulement de la
   phase de négociation, seront définis dans la lettre de consultation que
   recevront les candidats sélectionnés à l'issue de la phase de
   candidatures.
   3/depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre
   2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
   marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour
   accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire.
   Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que
   l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des
   modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE.
   Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos
   propres moyens les informations communiquées.
   4/conditions de remise des plis:
   A) par voie électronique uniquement;
   B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique
   électronique);
   C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission
   par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie
   électronique. Précisions concernant la remise des plis par courrier:
   Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de
   réception ou remis contre récépissé. Précisions concernant la remise
   des plis par voie électronique: Les formats électroniques acceptés sont
   ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (Dce)
   fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les
   documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff
   ou gif. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de
   validité.
   Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
   électronique dans les marchés publics, tout envoi électronique devra
   être signé au moyen de certificats de signature électronique conformes
   au RGS (y compris pades, cades ou Xades).
   Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2
   étoiles. La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom
   ... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur
   économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du
   14.12.2009. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais
   Impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé
   comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde» à l'adresse
   indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support
   physique électronique du règlement de la consultation
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nice 33 bd Franck Pilatte  B.P. 4179 06300
   Nice, tél. : (+33) 4-92-04-13-13, télécopieur: (+33) 4-93-55-78-31
   Organe chargé des procédures de médiation
   Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur, secrétariat général
   pour les affaires régionales, place Félix Baret  cS 80001, F-13282
   Marseille Cedex 06. E-mail: [11]catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr.
   Tél. (+33) 4 84 35 45 54. Fax (+33) 4 84 35 44 60
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Nice 33 bd Franck Pilatte B.P. 4179
   06359 Nice Cedex 4, tél. : (+33) 4-92-04-13-13, courriel:
   [12]greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur: (+33) 4-93-55-78-31
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Öffentlicher Verkehr (Straße) - UK-London
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 16073-2016 (ID: 2016011609175053914)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  UK-London: Öffentlicher Verkehr (Straße)
   2016/S 11/2016 16073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   London Bus Services Limited
   Area Y2, 10th Floor, Palestra, 197 Blackfriars Road
   Zu Händen von: Richard Rampton
   SE1 8NJ London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2030540491
   E-Mail: [4]contracts.tendering@tfl.gov.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.tfl.gov.uk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60112000
   Beschreibung
   Öffentlicher Verkehr (Straße).
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 5 656 847 GBP
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: QC50301
   Los-Nr: 503
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   London General Transport Services Ltd
   18 Merton High Street
   SW19 1DN London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 656 847 GBP
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   Wert ohne MwSt: 5 656 847 GBP
References
   4. mailto:contracts.tendering@tfl.gov.uk?subject=TED
   5. http://www.tfl.gov.uk/
OT: 16/01/2016    S11    - - Services - Contract award notice - Negotiated
   procedure
   United Kingdom-London: Public road transport services
   2016/S 011-016073
   Contract award notice  utilities
   Directive 2004/17/EC
   Section I: Contracting entity
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   London Bus Services Limited
   Area Y2, 10th Floor, Palestra, 197 Blackfriars Road
   For the attention of: Richard Rampton
   SE1 8NJ London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2030540491
   E-mail: [6]contracts.tendering@tfl.gov.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting entity: [7]www.tfl.gov.uk
   I.2)Main activity
   Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
   I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
   entities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Provision of Bus Service  Route 155.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 2: Land transport services [2], including armoured
   car services, and courier services, except transport of mail
   NUTS code UKI
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
   Provision of Bus Service Route 155 for 5 years with a provision of a 2
   year extension depending on performance. Please note costs posted on
   OJEU sometimes differ from those on the internet, this is due to post
   award negotiations.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   60112000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 5 656 847 GBP
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Negotiated with a call for competition
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
   QC50301
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   Section V: Award of contract
   V.1)Award and contract value
   Contract No: QC50301
   Lot No: 503 - Lot title: Provision of Bus Service  Route 155
   V.1.1)Date of contract award decision:
   1.6.2015
   V.1.2)Information about offers
   Number of offers received: 2
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   London General Transport Services Ltd
   18 Merton High Street
   SW19 1DN London
   UNITED KINGDOM
   V.1.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 5 656 847 GBP
   Excluding VAT
   V.1.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1.6)Price paid for bargain purchases
   Value excluding VAT: 5 656 847 GBP
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   London Bus Services Limited
   10th Floor, Y2, Palestra, 197 Blackfriars Road
   SE1 8N London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [8]richardrampton@tfl.gov.uk
   Internet address: [9]www.tfl.gov.uk
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beschaffung von medizinischer Ausrüstung für das regionale Krankenhaus in Shkodra, dritte Phase, FP-1385/add4 - FR-Paris
Medizinische Geräte
Dokument Nr...: 16173-2016 (ID: 2016011609190554014)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
  FR-Paris: Beschaffung von medizinischer Ausrüstung für das regionale Krankenhaus in Shkodra, dritte Phase, FP-1385/add4
   2016/S 11/2016 16173
   Invitation for Bids (IFB)
   Contracting entity: Council of Europe Development Bank, 55 avenue
   Kléber, 75116 Paris, France
   For the Republic of Albania
   1. The Government of Albania has received the Loan No FP-1385/add4,
   from the Council of Europe Development Bank toward the cost of the
   Third Phase of Shkodra Regional Hospital Project, and intends to apply
   part of the proceeds of this loan to payments under the Supply and
   Installation of Medical Equipment.
   2. The Ministry of Health of the Republic of Albania now invites sealed
   bids from eligible and qualified bidders for the Procurement of
   Medical Equipment for Shkodra Regional Hospital, Third Phase
   Lot 1. Medical equipment for the intensive care department
   3. Bidding will be conducted through the International Competitive
   Bidding (ICB), procedure specified in the Council of Europe Development
   Bank's Guidelines November 2004, and is open to all bidders from
   eligible bank source countries, as defined in the Bidding Documents.
   4. Interested eligible bidders may obtain further information from the
   Ministry of Health and inspect the Bidding Documents at the address
   given below from 9:00 to 14:30 hours, Tirana time, from Monday through
   Friday.
   5. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by
   interested bidders on the submission of a written Application to the
   address below and upon payment of a non-refundable fee of Euro 150.00.
   The method of payment will be direct deposit into Credins Bank of
   Albania and Account Number: 146278. The Bidding Documents will be sent
   by airmail and surface/or courier mail. An additional cost for the
   delivery through DHL or courier will be charged to the bidders.
   The bidding documents may be collected by an authorised representative
   of the bidder from the office stated below upon presentation to the
   Projects Implementation Unit of Bidder's Authorisation and documents
   confirming payment of the non-refundable fee to the above account.
   Documents will be available from: January 21, 2016.
   6. Bids must be delivered to the address* below before or at 11:00 a.m.
   Tirana time on February 25, 2016, at which time the tenders will be
   opened. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be
   rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders'
   representatives who choose to attend in person at the address below.
   All bids must be accompanied by a Bank Bid Security of 10,000 Euro or
   an equivalent amount in a freely convertible currency.
   7. The address referred to above is:
   Attention: Mr. Enik Shehu
   Director of Projects Implementation Unit
   Ministry of Health
   Rruga Elbasanit
   Pall Edil-Al-It, office 205
   Tirana, ALBANIA
   Tel: +355 42364781
   e-mail: [1]Enik.Shehu@shendetesia.gov.al
   [2]enikshehu@yahoo.com
References
   1. mailto:Enik.Shehu@shendetesia.gov.al?subject=TED
   2. mailto:enikshehu@yahoo.com?subject=TED
OT: 16/01/2016    S11    - - Supplies - Contract notice - Open procedure
   France-Paris: Procurement of Medical Equipment for Shkodra Regional
   Hospital, Third Phase, FP-1385/add4
   2016/S 011-016173
   Invitation for Bids (IFB)
   Contracting entity: Council of Europe Development Bank, 55 avenue
   Kléber, 75116 Paris, France
   For the Republic of Albania
   1. The Government of Albania has received the Loan No FP-1385/add4,
   from the Council of Europe Development Bank toward the cost of the
   Third Phase of Shkodra Regional Hospital Project, and intends to apply
   part of the proceeds of this loan to payments under the Supply and
   Installation of Medical Equipment.
   2. The Ministry of Health of the Republic of Albania now invites sealed
   bids from eligible and qualified bidders for the Procurement of
   Medical Equipment for Shkodra Regional Hospital, Third Phase
   Lot 1. Medical equipment for the intensive care department
   3. Bidding will be conducted through the International Competitive
   Bidding (ICB), procedure specified in the Council of Europe Development
   Bank's Guidelines November 2004, and is open to all bidders from
   eligible bank source countries, as defined in the Bidding Documents.
   4. Interested eligible bidders may obtain further information from the
   Ministry of Health and inspect the Bidding Documents at the address
   given below from 9:00 to 14:30 hours, Tirana time, from Monday through
   Friday.
   5. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by
   interested bidders on the submission of a written Application to the
   address below and upon payment of a non-refundable fee of Euro 150.00.
   The method of payment will be direct deposit into Credins Bank of
   Albania and Account Number: 146278. The Bidding Documents will be sent
   by airmail and surface/or courier mail. An additional cost for the
   delivery through DHL or courier will be charged to the bidders.
   The bidding documents may be collected by an authorised representative
   of the bidder from the office stated below upon presentation to the
   Projects Implementation Unit of Bidder's Authorisation and documents
   confirming payment of the non-refundable fee to the above account.
   Documents will be available from: January 21, 2016.
   6. Bids must be delivered to the address* below before or at 11:00 a.m.
   Tirana time on February 25, 2016, at which time the tenders will be
   opened. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be
   rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders'
   representatives who choose to attend in person at the address below.
   All bids must be accompanied by a Bank Bid Security of 10,000 Euro or
   an equivalent amount in a freely convertible currency.
   7. The address referred to above is:
   Attention: Mr. Enik Shehu
   Director of Projects Implementation Unit
   Ministry of Health
   Rruga Elbasanit
   Pall Edil-Al-It, office 205
   Tirana, ALBANIA
   Tel: +355 42364781
   e-mail: [1]Enik.Shehu@shendetesia.gov.al
   [2]enikshehu@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen - AT-Innsbruck
Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
Medizinische Geräte
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Dokument Nr...: 16273-2016 (ID: 2016011909020354331)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  AT-Innsbruck: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
   2016/S 12/2016 16273
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Tirol Kliniken GmbH
   Maximilianstraße 35
   Kontaktstelle(n): Bau und Technik
   Zu Händen von: Dipl.-Ing. Eduard Widmoser
   6020 Innsbruck
   ÖSTERREICH
   E-Mail: [5]bau-technik@tirol-kliniken.at
   Fax: + 43 512 504 28714
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.tirol-kliniken.at
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Kapitalgesellschaft
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Gesamtprojekt (wenn anwendbar): Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau
   Kinder- und Jugendpsychiatrie Haus 6.
   Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 6023-33/70-2016
   Auftragskurzbezeichnung (Gewerk):
   Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie
   Haus 6.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort: Tirol.
   AT332
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Es ist geplant am Campus des LKH-Hall i.T. einen Neubau für die Kinder-
   und Jugendpsychiatrie zu realisieren. In dem zu errichtenden Neubau
   sollen Flächen für Bettenstationen, Ambulanzen, sowie eine Tagesklinik
   samt dazu gehörigen Nebenräumen untergebracht werden.
   Planungszeitraum 2014-2015, Ausführung 2016-2017.
   Veranschlagte Gesamtprojektsumme ohne MwSt. (falls bekannt, in Zahlen):
   19 600 000 EUR.
   Veranschlagte Auftragssumme (Auftragswert) ohne MwSt. (falls bekannt,
   in Zahlen):  EUR.
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45215100, 30000000, 33000000, 33100000, 39000000
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tirol Kliniken GmbH,
   kundgemacht im Internet ab Seite [7]http://www.tirol-kliniken.at/agb
   Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens werden nicht
   anerkannt.
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Ausschreibungsunterlagen (Allgemeiner Teil) und AGB der Tirol
   Kliniken GmbH ([8]http://www.tirol-kliniken.at/agb).
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   7.1.2016
References
   5. mailto:bau-technik@tirol-kliniken.at?subject=TED
   6. http://www.tirol-kliniken.at/
   7. http://www.tirol-kliniken.at/agb
   8. http://www.tirol-kliniken.at/agb
OT: 19/01/2016    S12    - - Bauleistung - Vorabinformation ohne Aufruf zum
   Wettbewerb - Entfällt
   Österreich-Innsbruck: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
   2016/S 012-016273
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Tirol Kliniken GmbH
   Maximilianstraße 35
   Kontaktstelle(n): Bau und Technik
   Zu Händen von: Dipl.-Ing. Eduard Widmoser
   6020 Innsbruck
   ÖSTERREICH
   E-Mail: [5]bau-technik@tirol-kliniken.at
   Fax: + 43 512 504 28714
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.tirol-kliniken.at
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Kapitalgesellschaft
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Gesamtprojekt (wenn anwendbar): Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau
   Kinder- und Jugendpsychiatrie Haus 6.
   Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 6023-33/70-2016
   Auftragskurzbezeichnung (Gewerk):
   Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie
   Haus 6.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort: Tirol.
   AT332
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Es ist geplant am Campus des LKH-Hall i.T. einen Neubau für die Kinder-
   und Jugendpsychiatrie zu realisieren. In dem zu errichtenden Neubau
   sollen Flächen für Bettenstationen, Ambulanzen, sowie eine Tagesklinik
   samt dazu gehörigen Nebenräumen untergebracht werden.
   Planungszeitraum 2014-2015, Ausführung 2016-2017.
   Veranschlagte Gesamtprojektsumme ohne MwSt. (falls bekannt, in Zahlen):
   19 600 000 EUR.
   Veranschlagte Auftragssumme (Auftragswert) ohne MwSt. (falls bekannt,
   in Zahlen):  EUR.
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45215100, 30000000, 33000000, 33100000, 39000000
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tirol Kliniken GmbH,
   kundgemacht im Internet ab Seite [7]http://www.tirol-kliniken.at/agb
   Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens werden nicht
   anerkannt.
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Ausschreibungsunterlagen (Allgemeiner Teil) und AGB der Tirol
   Kliniken GmbH ([8]http://www.tirol-kliniken.at/agb).
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sonnenschutzarbeiten - DE-Bad Oldesloe
Sonnenschutzarbeiten
Dokument Nr...: 16373-2016 (ID: 2016011909024654432)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  DE-Bad Oldesloe: Sonnenschutzarbeiten
   2016/S 12/2016 16373
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Bad Oldesloe, Der Bürgermeister
   Markt 5
   23843 Bad Oldesloe
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 45315040
   E-Mail: [6]kub-ausschreibung@badoldesloe.de
   Fax: +49 4531504900
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.badoldesloe.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Sunder- Plassmann Architekten
   Am Hafen 3
   24376 Kappeln
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 046422418
   E-Mail: [8]info@sunder-plassmann.com
   Fax: +49 046422419
   Internet-Adresse: [9]http://www.sunder-plassmann.com
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Bauausführung für das Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe (KuB):
   VE B- 180 Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Erbringung einer Bauleistung, gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß
   den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Bad
   Oldesloe.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Mit dem geplanten Kultur- und Bildungszentrums Bad Oldesloe (KuB) soll
   eine öffentliche, multifunktionale Einrichtung für Kultur, Bildung,
   Veranstaltung und Information geschaffen werden.
   Das KuB soll von verschiedensten Einrichtungen, Interessenten und
   Besuchern flexibel genutzt werden.
   VHS, Musikschule, Klangstadt, Oldesloer Bühne, Stadtinfo, Altstadt e.
   V. bieten vielschichtige Bildungs-/ Weiterbildungs- und kulturelle
   Programme und Veranstaltungen an.
   Die multifunktionalen Nutzungen und Angebote werden durch zusätzliche,
   besondere Veranstaltungen und einer Gastronomie ergänzt.
   Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe ( KuB )
   werden die bestehenden Gebäude Amtsgericht und Hist. Rathaus um die
   Neubau- Anbauten Eingangshalle, Multifunktionssaal und Oldesloer Bühne
   auf dem Gründstück Flurstück 202, Flur 14 erweitert.
   Hist. Rathaus:
   Im Hist. Rathaus sind nur die notwendigen Maßnahmen durch die Anbindung
   des künftigen KuB, Brandschutzmaßnahmen und die Neuerrichtung des
   Wintergartens vorgesehen.
   Ehem. Amtsgericht:
   Das ehemalige Amtsgericht bleibt in seiner Gebäude- und
   Grundrissstruktur weitestgehend erhalten. Brandschutzmaßnahmen, TGA-
   Maßnahmen, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind vorgesehen.
   Eingangshalle:
   Die neue Eingangshalle nutzt die Bestandsfassade des Amtsgerichtes auf
   ganzer Länge als Rückwand und wird als Stahl-/ Glashalle mit
   Stahltragkonstruktion errichtet.
   Multifunktionssaal:
   Der Multifunktionssaal wird als geschlossener Kubus in StB- Bauweise
   errichtet.
   Proportionen und Abmessungen orientieren sich an der Volumenkennzahl,
   die Rückwand wird zur optimalen Schallreflektion geneigt ausgebildet.
   Oldesloer Bühne:
   Östlich des Amtsgerichtes schließt ebenfalls als ein geschlossener
   Kubus in StB- Bauweise, die Oldesloer Bühne mit Probe-, Werk- und
   Kinderbühne an.
   TGA:
   Außenanlagen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45212190
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen:
   Los 1 KuB:
   Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 40 Stk.;
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 6 Stk.;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 18 Stk.;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System ca. 275 m²;
   Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System ca. 80 m²;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb ca. 55 m².
   Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 14 Stk.;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 10 Stk.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 21.3.2016. Abschluss 19.4.2016
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: VE B- 180 Blend- und
   Sonnenschutz/Vorhanganlagen: Los 1 KuB
   1)Kurze Beschreibung
   Los 1 KuB:
   Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren;
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System;
   Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45212190
   3)Menge oder Umfang
   Los 1 KuB:
   Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 40 Stk.;
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 6 Stk.;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 18 Stk.;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System ca. 275 m²;
   Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System ca. 80 m²;
   Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb ca. 55 m².
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: VE B- 180 Blend- und
   Sonnenschutz/Vorhanganlagen: Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus
   1)Kurze Beschreibung
   Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45212190
   3)Menge oder Umfang
   Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
   Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 14 Stk.;
   Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 10 Stk.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Gemäß § 16 VOB/ B sowie Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschulderische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und
   Nachweise sind von den Bietern vorzulegen. Im Falle von
   Bietergemeinschaften sind die Angaben, Erklärungen und Nachweise von
   jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen, es sei denn es ist
   nachstehend ausdrücklich etwas anderes geregelt.
   1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
   abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
   Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
   gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
   ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
   2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
   die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
   Bauunternehmen ( Präqualifikationsverzeichnis ) eingetragen sind, kann
   anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
   unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
   gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
   Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
   3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
   Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
   Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
   entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
   (nicht älter als 3 Monate):
    Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft
   bzw. des zuständigen Versicherungsträgers;
    ein aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 1
   der Gewerbeordnung;
    eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen
   Sozialkasse (SOKA- Bau oder anderer Sozialkassen ) des Baugewerbes über
   die vollständige Entrichtung von Beiträgen;
    eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung;
    aktuelle Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug gemäß § 48 Abs. 1
   EstG des zuständigen Finanzamtes.
   Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres
   Heimatlandes vorzulegen. Diesen ist eine Übersetzung in Deutsch
   beizufügen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und
   Nachweise sind von den Bietern vorzulegen. Im Falle von
   Bietergemeinschaften sind die Angaben, Erklärungen und Nachweise von
   jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen, es sei denn es ist
   nachstehend ausdrücklich etwas anderes geregelt.
   1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
   abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
   Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
   gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
   ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
   2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
   die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
   Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind, kann
   anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
   unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
   gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
   Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
   3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
   Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
   Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
   entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
   (nicht älter als 3 Monate):
    Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen
   Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
   betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter
   Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern
   ausgeführten Aufträgen;
    Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen
   Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind;
    Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
   jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach
   Berufsgruppen;
    dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenen Leistung zur
   Verfügung stehende technische Ausrüstung;
    das für die Leistung und Aufsicht vorgesehene technische Personal;
    Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes;
    andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete
   Nachweise.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und Nachweise sind von den
   Bietern vorzulegen. Im Falle von Bietergemeinschaften sind die Angaben,
   Erklärungen und Nachweise von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft
   vorzulegen, es sei denn es ist nachstehend ausdrücklich etwas anderes
   geregelt.
   1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
   abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
   Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
   gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
   ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
   2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
   die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
   Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind, kann
   anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
   unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
   gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
   Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
   3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
   Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
   Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
   entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
   (nicht älter als 3 Monate):
    Eignung anhand von 3 vergleichbaren Bauwerken/ Projekten, die er in
   den letzten 3 Jahren hergestellt hat.
   Die Vergleichbarkeit der Bauwerke/ Projekte bemisst sich nach Art und
   Größe; weiterhin ist der Anteil der Eigenleistung des Bieters im Rahmen
   dieser vergleichbaren Bauwerke/ Projekte relevant.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   28110: B- 180, VE B- 180 Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2013/S 195-335593 vom 8.10.2013
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 35 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung:
   Empfänger: Gregor Sunder- Plassmann;
   Konto Nr.: 62738609;
   BLZ: 200 300 00;
   IBAN: DE78200300000062738609;
   BIC: HYVEDEMM300;
   Verwendungszweck: KuB: 28110: B- 180, VE B- 180 Blend- und
   Sonnenschutz/Vorhanganlagen.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   17.2.2016 - 10:30
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 20.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 17.2.2016 - 10:30
   Ort:
   Stadt Bad Oldesloe, Der Bürgermeister, Markt 5, 23843 Bad Oldesloe.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
   und deren Bevollmächtigte, nur mit entsprechender Vollmacht und
   Ausweispflicht.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Das rechtsverbindlich unterschriebene Angebot ist mit den unter Ziffer
   III.2) aufgeführten Angaben und Erklärungen und mit einer
   Verpflichtungserklärung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz
   Schleswig- Holstein- TTG auf den den Vergabeunterlagen beigefügten
   Formblättern in einem verschlossenen und gekennzeichneten Umschlag bis
   zum Ende der Angebotsfrist (vgl. Ziffer IV.3.4)) einzusenden oder
   abzugeben.
   Zusätzlich ist gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig- Holstein-
   TTG eine Angebotskopie, einschl. eventueller Nebenangebote in einem
   gesonderten, verschlossenen Umschlag dem Angebot beizulegen. Liegt
   diese Zweitausfertigung in einem gesonderten, geschlossenen und
   beschrifteten Umschlag den Angebotsunterlagen nicht bei, muss das
   Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.
   (Siehe auch Hinweisblatt in den Vergabeunterlagen Wichtige Hinweise
   zur Angebotsabgabe!).
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabeprüfstelle beim Innenministerium des Landes Schleswig- Holstein,
   IV 66
   Düsternbrooker Weg 92
   24105 Kiel
   DEUTSCHLAND
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus
   § 107 Abs. 3 GWB. Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Post- Eingang
   bzw. 10 Kalendertage nach Telefax- Eingang der Mitteilung des
   Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, ist
   ein Nachprüfungsantrag unzulässig. Für die Einlegung von Rechtsbehelfen
   gelten u. a. die folgenden Regelungen des Gesetztes gegen
   Wettbewerbsbeschränkungen (GWB):
   § 101a Informations- und Wartepflicht,
   § 101b Unwirksamkeit,
   § 107 Einleitung, Antrag.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabeprüfstelle beim Innenministerium des Landes Schleswig- Holstein,
   IV 66
   Düsternbrooker Weg 92
   24105 Kiel
   DEUTSCHLAND
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14.1.2016
References
   6. mailto:kub-ausschreibung@badoldesloe.de?subject=TED
   7. http://www.badoldesloe.de/
   8. mailto:info@sunder-plassmann.com?subject=TED
   9. http://www.sunder-plassmann.com/
  10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335593-2013:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen - DE-Leipzig
Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
Dokument Nr...: 16473-2016 (ID: 2016011909032554531)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  DE-Leipzig: Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
   2016/S 12/2016 16473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Leipzig  Amt für Gebäudemanagement
   04092
   Zu Händen von: Röhniß, Gerd
   Leipzig
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 341123-7333
   E-Mail: [6]gerd.roehniss@leipzig.de
   Fax: +49 341123-7341
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.leipzig.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. BA, Los 403
   Starkstrominstallationsarbeiten.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   04249 Leipzig.
   NUTS-Code DED31
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. BA, Gerhard-Ellrodt-Straße 29 c, d,
   Leipzig, Los 403 Starkstrominstallationsarbeiten Abstellhalle Teil 2.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45232200
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Preis. Gewichtung 100
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   B15-6533-06-0678
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 184-333322 vom 23.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 4522032306 Los-Nr: 403 - Bezeichnung:
   Starkstrominstallationsarbeiten Abstellhalle Teil 2
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   14.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lutz Löffler
   Chemnitzer Str. 42
   04643 Geithain
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [9]lutz.loeffler@elektrohaus-loeffler.de
   Telefon: +49 34341-42879
   Fax: +49 34341-42854
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der LAndesdirektion
   Sachsen
   Braustraße 2
   04107 Leipzig
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]Vergabekammer@lds.sachsen.de
   Fax: +49 341-977-1049
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Um
   eine Korrektur eines Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein
   Nachprüfungsantrag bei der unter VI.4.1) genannten Stelle gestellt
   werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch
   nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt
   werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den
   beabsichtigten Zuschlag informiert hat und die gem. § 101a GWB
   vorgeschriebene Informationsfrist vergangen ist. Vor der Antragstellung
   muss der Bieter in aller Regel den Vergaberechtsverstoß unverzüglich
   gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d.h. ohne schuldhaftes Zögern
   (i.d.R. 3 Tage, höchstens innerhalb von einer Woche nach Kenntnis des
   Verstoßes) bzw. bei einem Vergaberechtsverstoß, der auf Grund der
   Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Angebotsfrist. Bei
   Nichtabhelfen der Rüge durch die Vergabestelle wird auf die Frist nach
   § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB verwiesen.
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Bundeskartellamt
   Kaiser-Friedrich-Straße 16
   50113 Bonn
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
   Telefon: +49 288-9499-0
   Internet-Adresse: [12]www.bundeskartellamt.de
   Fax: +49 288-9499-400
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   15.1.2016
References
   6. mailto:gerd.roehniss@leipzig.de?subject=TED
   7. http://www.leipzig.de/
   8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333322-2015:TEXT:DE:HTML
   9. mailto:lutz.loeffler@elektrohaus-loeffler.de?subject=TED
  10. mailto:Vergabekammer@lds.sachsen.de?subject=TED
  11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Hubschrauber - HU-Budaörs
Hubschrauber
Reparatur und Wartung von Hubschraubern
Dokument Nr...: 16573-2016 (ID: 2016011909042154632)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  HU-Budaörs: Hubschrauber
   2016/S 12/2016 16573
   Magyar Légiment Nonprofit Kft., AK20008, Légiment u. 8., Zu Händen
   von: Korolovszky Júlia, Budaörs 2040, UNGARN. Telefon: +36 23804810.
   Fax: +36 23804811. E-Mail: legititkarsag@airambulance.hu
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.10.2015, [1]2015/S
   212-385014)
   Betr.:
   CPV:34711500, 50212000
   Hubschrauber
   Reparatur und Wartung von Hubschraubern
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
   Der Auftrag wird möglicherweise Gegenstand einer neuen Veröffentlichung
   sein
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385014-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 19/01/2016    S12    - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt
   eljárás
   Magyarország-Budaörs: Helikopterek
   2016/S 012-016573
   Magyar Légiment Nonprofit Kft., AK20008, Légiment u. 8., Címzett:
   Korolovszky Júlia, Budaörs 2040, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 23804810.
   Fax: +36 23804811. E-mail: legititkarsag@airambulance.hu
   (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, [1]2015/S
   212-385014)
   Tárgy:
   CPV:34711500, 50212000
   Helikopterek
   Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
   Befejezetlen eljárás
   A közbeszerzési eljárást megszüntették
   Lehetséges, hogy a szerzdést ismételten közzéteszik
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dermatika - CY-Nikosia
Dermatika
Dokument Nr...: 16673-2016 (ID: 2016011909052754736)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  CY-Nikosia: Dermatika
   2016/S 12/2016 16673
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Farmakeytikes Ypiresies
   Polyfimoy 15, Biomich. Periochi Stroboloy
   Kontaktstelle(n): Farmakeytikes Ypiresies Tomeas Prosforon
   Zu Händen von: Maria Odysseos
   2033 Leykosia
   ZYPERN
   Telefon: +357 22608745
   Fax: +357 22446414
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.moh.gov.cy/phs
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.eprocurement.gov.cy
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://www.eprocurement.gov.cy
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]http://www.eprocurement.gov.cy
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:  ,
    
    1   17
   Kontaktstelle(n):    . 2
   Zu Händen von:  
   1514 
   ZYPERN
   Telefon: +357 22605430
   Fax: +357 22772282
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33631000
   Beschreibung
   Dermatika.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 09:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Griechisch.
References
   4. http://www.moh.gov.cy/phs
   5. http://www.eprocurement.gov.cy/
   6. http://www.eprocurement.gov.cy/
   7. http://www.eprocurement.gov.cy/
OT: 19/01/2016    S12    - -  -   - 
   
   -:   
   2016/S 012-016673
    
   
    2004/18/
    I:  
   I.1),    
    
    15, .  
   () :    
   :  
   2033 
   
   : +357 22608745
    : [6]modysseos@phs.moh.gov.cy
   : +357 22446414
   (-)  :
       : [7]www.moh.gov.cy/phs
      : [8]http://www.eprocurement.gov.cy
      : [9]http://www.eprocurement.gov.cy
        :
   [10]http://www.eprocurement.gov.cy
       :  ()
   (-) (-) 
        (
             
   )   :  () (-) (-)
   
       :  ,
    
    1   17
   () :    . 2
   :  
   1514 
   
   : +357 22605430
   : +357 22772282
   I.2)   
         ,  
       
   I.3) 
   
   I.4)       
             :
   
    II:   
   II.1)
   II.1.1)        :
          205/2015.
   II.1.2)      ,   
   
   
   
        ,    :
      .
    NUTS CY000
   II.1.3)    ,   
      ()
       
   II.1.4)    
   II.1.5)      
      .
   II.1.6)      (CPV)
   33631000
   II.1.7)       (GPA)
           
   (Government Procurement Agreement  GPA): 
   II.1.8)
        : 
           
   II.1.9)    
       : 
   II.2)    
   II.2.1)   :
       : 264 680 EUR
   II.2.2)    
    : 
       :   
    30 %.
         :
    : 24 (    )
   II.2.3)   
   II.3)     
     : 24 (    )
       
    : 1 :  1
   1) 
   2)      (CPV)
   33631000
   3)  
       : 7 200 EUR
   4)        
      /
   5)     
           
   .
    : 2 :  2
   1) 
   2)      (CPV)
   33631000
   3)  
       : 27 600 EUR
   4)        
      /
   5)     
           
   .
    : 3 :  3
   1) 
   2)      (CPV)
   33631000
   3)  
       : 52 800 EUR
   4)        
      /
   5)     
           
   .
    : 4 :  4
   1) 
   2)      (CPV)
   33631000
   3)  
       : 80 000 EUR
   4)        
      /
   5)     
           
   .
    : 5 :  5
   1) 
   2)      (CPV)
   33631000
   3)  
       : 36 000 EUR
   4)        
      /
   5)     
           
   .
    III: , ,   
   
   III.1)    
   III.1.1) :
       ,    
     ,      
       .
       ,      
              10 %
       .
   III.1.2)     /  
       :
              
           .
   III.1.3)         
        :
            
        /  .
   III.1.4)  
          : 
   III.2) 
   III.2.1)    , 
            
            
     :      51 
            
    ,        
   2006 (.12()/2006).
   III.2.2)   
   III.2.3) 
   III.2.4)     
   III.3)      
   III.3.1)     
   III.3.2)        
    IV: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.1.2)          
       
   IV.1.3)        
      
   IV.2) 
   IV.2.1) 
    
   IV.2.2)     
     : 
   IV.3) 
   IV.3.1)        
   :
   ..13.25.02.04.89
   IV.3.2)      
   
   IV.3.3)       
      
       : 
   IV.3.4)       
   3.3.2016 - 09:00
   IV.3.5)      
      
   IV.3.6)(-)  () (-)    
       
   .
   IV.3.7)      
     : 5 (     
   )
   IV.3.8)     
   : 3.3.2016
   :
    .
            :
   
           
    :   .
    VI:  
   VI.1)    
       : 
   VI.2)       
       /    
      : 
   VI.3) 
         
   [11]www.eprocurement.gov.cy
          24    
     ,       
           
   ().
   VI.4) 
   VI.4.1)     
     
      81-83, 2  .. 24820
   1304 
   
    : [12]tra@aap.gov.cy
   : +357 22445100
     : [13]http://www.tra.gov.cy
   : +357 22445107
   VI.4.2) 
         ( )  
    : 1.    ,  
                
             
              
        ,   
       ,    
             
      2010 (.104()/2010).
   2.        , 
          
       .  
       [14]www.tra.gov.cy
   3.        ,  
           , 
             
          2010 (.104()/2010).
   VI.4.3)        
   
     
      81-83, 2  .. 24820
   1304 
   
    : [15]tra@aap.gov.cy
   : +357 22445100
     : [16]http://www.tra.gov.cy
   : +357 22445107
   VI.5)    :
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vergabe einer öffentlichen Dienstleistung betreffend das gebührenpflichtige Parken auf Straßen in der Stadt Metz - FR-Metz
Stechuhren
Dienstleistungen zur Durchsetzung von Parkvorschriften
Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern
Dokument Nr...: 1673-2016 (ID: 2016010509070439001)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  FR-Metz: Vergabe einer öffentlichen Dienstleistung betreffend das gebührenpflichtige Parken auf Straßen in der Stadt Metz
   2016/S 2/2016 1673
   Département de publication: 57
   Convention de délégation de service public
   Section I: Autorité délégante et adresse
   I.1)Nom et adresse:
   Mairie de Metz, 1, place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention de
   Commande publique, 57036 Metz Cedex 1, FRANCE. Tél: 0387555963. E-mail:
   marchesadmin@mairie-metz.fr Fax: 0387555937.
   Adresse(s) internet: adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL):
   [1]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
   Adresse(s) internet: adresse générale du profil d'acheteur (URL):
   [2]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues:
   Point(s) de contact susmentionné(s).
   I.2)Nature de l'autorité délégante:
   Commune.
   Section II: Objet de la délégation de service public
   II.1)Intitulé de la délégation de service public:
   Délégation du service public du stationnement payant sur voirie de la
   ville de Metz.
   II.2)Texte en application duquel la convention est conclue:
   Articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
   territoriales.
   II.3)Objet de la délégation:
   Gestion du stationnement payant sur voirie de la ville, environ 3 000
   places, comprenant notamment l'entretien et le renouvellement des
   horodateurs, la fourniture-pose de nouveaux si nécessaire, la maison du
   stationnement, la signalisation statique, la collecte des recettes,
   l'adaptation aux évolutions du stationnement payant dans la ville, la
   commercialisation des macarons résidents et des produits tarifaires,
   les services complémentaires liés à la dépénalisation éventuelle
   (contrôle du stationnement payant, gestion des forfaits de
   post-paiement et des recours administratifs préalables), etc.
   Domaine de la délégation: autre: stationnement.
   Autres précisions: le début de la délégation pourra être repoussé de 3
   mois au 1.1.2017 par délibération du conseil municipal. La durée
   finalement retenue, de l'ordre de 7 ans, tiendra compte des
   investissements réalisés et de l'équilibre économique de la future
   convention.
   Domaine de la délégation: autre: stationnement.
   Durée de la délégation: 7 ans et 3 mois.
   Autres précisions: la convention prendra effet le 1.10.2016.
   Lieu principal d'exécution de la délégation: commune de Metz, 57000
   Metz.
   Code NUTS: FR.
   II.4)Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet
   de la convention:
   Si notamment son équilibre financier le permet, la DSP pourra intégrer
   la fourniture - pose - entretien d'abris à vélos sécurisés et de bornes
   de recharge électrique, l'installation de capteurs à la place et la
   mise en uvre des systèmes LAPI (lecture automatisée de plaques
   d'immatriculation).
   II.5)Classification CPV:
   38720000, 98351110, 98351100.
   Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
   relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   III.2)Capacité économique et financière:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   III.3)Capacité technique et professionnelle:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   Section IV: Procédure
   IV.1)Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante:
   DSP15-0001.
   IV.2)Modalités de présentation des candidatures:
   Voir ci-après.
   Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées:
   Mairie de Metz, 1 place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention du
   service commande publique, 57036 Metz Cedex 01, FRANCE. Tél.
   0387555963. E-mail: [3]marchesadmin@mairie-metz.fr Fax 0387555937.
   IV.3)Condition de délai:
   Date limite de réception des candidatures: 7.3.2016 (12:00).
   IV.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
   participation:
   Français.
   IV.5)Critères de sélection des offres:
   Décrits dans le document remis aux candidats retenus.
   Section V: Renseignements complémentaires
   V.1)La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par
   des fonds de l'Union européenne:
   Non.
   V.2)Autres informations:
   Conditions de participation
   Liste des documents à fournir:
   1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
   relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
   renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   - une lettre de candidature développant les motivations du candidat et
   les conditions générales dans lesquelles il entend mener à bien
   l'activité déléguée, accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à
   engager le candidat et, en cas de groupement d'opérateurs économiques,
   du pouvoir donné au mandataire par les cotraitants pour la présentation
   du dossier de candidature,
   - une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que:
   * le candidat ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir
   à la présente consultation ou d'une interdiction équivalente dans un
   autre pays,
   * le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de redressement
   judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité. Le cas échéant,
   la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
   * le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années,
   d'une condamnation inscrite au bulletin n^o 2 du casier judiciaire pour
   les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5,
   L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du travail (dans les conditions
   prévues par l'article 9 du décret n^o 97-638 du 31.5.1997),
   * le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L.5212-5 du
   Code du travail ou qu'il a versé la contribution visée à l'article
   L.5212-9 de ce même code pour les personnes assujetties (article
   L.5212-1 du Code du travail) à l'obligation définie aux articles
   L.5212-2, L.5212-3, L.5212-4 du Code du travail (obligation d'employer
   des travailleurs handicapés ou en difficulté),
   * les prestations seront réalisées par des salariés employés
   régulièrement au regard de la législation applicable.
   Les candidats pourront, le cas échéant, s'inspirer du contenu ou
   utiliser les modèles de formulaires utilisés en matière de passation
   des marchés publics (DC 1, DC 2, et autres) téléchargeables sur le site
   du ministère de l'économie
   [4]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
   2. Capacité économique et financière: renseignements et formalités
   nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
   - chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles
   faisant l'objet de la délégation de service public, réalisé au cours
   des 3 derniers exercices clos disponibles,
   - bilans et comptes de résultat pour les 3 derniers exercices clos
   disponibles ou tout autre document reprenant les mêmes données
   concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine
   d'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
   - extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés
   (modèle Kbis) ou équivalent étranger,
   - attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle
   pour l'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
   - montant et composition du capital social, liste des principaux
   actionnaires (détenant plus de 10 % du capital).
   3. Capacité technique: renseignements et formalités nécessaires pour
   évaluer si ces exigences sont remplies: mémoire présentant:
   - le candidat (organisation, moyens humains et matériels),
   - le savoir-faire du candidat dans le domaine d'activité faisant
   l'objet de la délégation de service public,
   - les références pertinentes et détaillées du candidat au cours des 3
   dernières années en rapport avec l'objet de la délégation de service
   public ou tout autre document démontrant son aptitude à assurer
   l'exécution du service public en cause,
   - le cas échéant, tout document complémentaire de présentation, à la
   diligence du candidat.
   4. Conditions de participation:
   - le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les
   autorités compétentes justifiant qu'il a satisfait à ses obligations
   fiscales, parafiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8
   du décret n^o 97-638 du 31.5.1997 et de l'arrêté du 31.1.2003 pris pour
   son application). En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations
   sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas
   prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une
   déclaration sur l'honneur datée et signée. Le candidat établi dans un
   État membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un
   certificat établi par les administrations et organismes du pays
   d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels
   il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur
   l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
   ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un
   pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne
   donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par
   les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
   sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative
   de ce pays. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent
   faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française,
   - le candidat qui, pour une raison justifiée (structure en cours de
   constitution ou nouvellement créée, candidat étranger, etc.), ne serait
   pas en mesure de fournir les justifications requises ci-dessus est
   admis à présenter tout document équivalent à ceux dont la production
   est demandée et à prouver ses capacités économiques, financières et
   techniques par tout moyen approprié,
   - afin de permettre l'appréciation de ses garanties professionnelles et
   financières et de son aptitude à assurer l'égalité des usagers devant
   le service public et la continuité du service public, le candidat peut
   demander que soient également prises en considération les capacités
   professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
   économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus.
   Dans ce cas, le candidat devra justifier des capacités de ces
   opérateurs économiques en fournissant les mêmes documents que ceux dont
   la production lui est demandée par l'autorité délégante. En cas de
   groupement d'opérateurs économiques, l'un d'eux, désigné mandataire,
   sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un opérateur
   économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque
   membre devra fournir l'ensemble des pièces requises par l'autorité
   délégante. En outre, devront être précisés l'identité, le rôle et, eu
   égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement
   dans le cadre du projet. Le groupement attributaire devra
   obligatoirement revêtir la forme d'un groupement solidaire.
   5. Modalités de présentation des candidatures: les dossiers de
   candidature doivent être transmis avant la date limite indiquée
   ci-dessus sous enveloppe fermée:
   - soit par remise directe contre récépissé à l'adresse indiquée
   ci-dessus et aux horaires suivants: de 8:15 à 12:15 et de 14:15 à 17:00
   (le vendredi uniquement jusqu'à 16:30), soit par pli recommandé avec
   avis de réception, à l'adresse suivante: Mairie de Metz, service
   commande publique, 1 place d'Armes, BP 21025, 57036 Metz Cedex 01,
   FRANCE. L'enveloppe portera la mention «Délégation du service public du
   stationnement payant sur voirie de la ville de Metz - candidature - ne
   pas ouvrir avant la séance». Le nom du candidat ne figurera pas sur
   l'enveloppe. La candidature comportera les pièces visées ci-dessus
   ainsi qu'une copie du dossier de candidature au format CD-ROM ou clé
   USB. La transmission des dossiers de candidature par voie électronique
   n'est pas autorisée.
   6. Critères de sélection des candidatures (article L.1411-1, alinéa 3,
   du Code général des collectivités territoriales), sans pondération ni
   ordre d'importance hiérarchique:
   - garanties professionnelles et financières,
   - aptitude à assurer l'égalité des usagers devant le service public et
   la continuité du service public,
   - respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
   aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail.
   7. Informations sur le déroulement de la procédure: le présent appel à
   candidatures a pour but de dresser la liste des candidats admis à
   présenter une offre après examen de leur dossier de candidature. Un
   document de référence pour l'élaboration des offres, désigné «dossier
   de consultation», sera gratuitement remis aux candidats retenus. En
   application de l'article L.1411-1, alinéa 5, du Code général des
   collectivités territoriales, les offres présentées seront librement
   négociées par le représentant de l'autorité délégante avant qu'il ne
   procède au choix du délégataire.
   8. Informations complémentaires: des informations complémentaires
   peuvent être demandées par écrit (télécopie ou courriel) aux
   coordonnées figurant ci-dessus.
   V.3)Procédures de recours
   V.3.1)Instance chargée des procédures de recours:
   Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000
   Strasbourg, FRANCE. Tél. 0388212323. E-mail:
   [5]greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Fax 0388364466.
   V.4)Date d'envoi du présent avis:
   24.12.2015.
References
   1. http://mairie-metz.e-marchespublics.com/
   2. http://mairie-metz.e-marchespublics.com/
   3. mailto:marchesadmin@mairie-metz.fr?subject=TED
   4. http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
   5. mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr?subject=TED
OT: 05/01/2016    S2    - - Services - Avis de marché - Non spécifié
   France-Metz: Délégation du service public du stationnement payant sur
   voirie de la ville de Metz
   2016/S 002-001673
   Département de publication: 57
   Convention de délégation de service public
   Section I: Autorité délégante et adresse
   I.1)Nom et adresse:
   Mairie de Metz, 1, place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention de
   Commande publique, 57036 Metz Cedex 1, FRANCE. Tél: 0387555963. E-mail:
   marchesadmin@mairie-metz.fr Fax: 0387555937.
   Adresse(s) internet: adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL):
   [1]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
   Adresse(s) internet: adresse générale du profil d'acheteur (URL):
   [2]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues:
   Point(s) de contact susmentionné(s).
   I.2)Nature de l'autorité délégante:
   Commune.
   Section II: Objet de la délégation de service public
   II.1)Intitulé de la délégation de service public:
   Délégation du service public du stationnement payant sur voirie de la
   ville de Metz.
   II.2)Texte en application duquel la convention est conclue:
   Articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
   territoriales.
   II.3)Objet de la délégation:
   Gestion du stationnement payant sur voirie de la ville, environ 3 000
   places, comprenant notamment l'entretien et le renouvellement des
   horodateurs, la fourniture-pose de nouveaux si nécessaire, la maison du
   stationnement, la signalisation statique, la collecte des recettes,
   l'adaptation aux évolutions du stationnement payant dans la ville, la
   commercialisation des macarons résidents et des produits tarifaires,
   les services complémentaires liés à la dépénalisation éventuelle
   (contrôle du stationnement payant, gestion des forfaits de
   post-paiement et des recours administratifs préalables), etc.
   Domaine de la délégation: autre: stationnement.
   Autres précisions: le début de la délégation pourra être repoussé de 3
   mois au 1.1.2017 par délibération du conseil municipal. La durée
   finalement retenue, de l'ordre de 7 ans, tiendra compte des
   investissements réalisés et de l'équilibre économique de la future
   convention.
   Domaine de la délégation: autre: stationnement.
   Durée de la délégation: 7 ans et 3 mois.
   Autres précisions: la convention prendra effet le 1.10.2016.
   Lieu principal d'exécution de la délégation: commune de Metz, 57000
   Metz.
   Code NUTS: FR.
   II.4)Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet
   de la convention:
   Si notamment son équilibre financier le permet, la DSP pourra intégrer
   la fourniture - pose - entretien d'abris à vélos sécurisés et de bornes
   de recharge électrique, l'installation de capteurs à la place et la
   mise en uvre des systèmes LAPI (lecture automatisée de plaques
   d'immatriculation).
   II.5)Classification CPV:
   38720000, 98351110, 98351100.
   Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
   relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   III.2)Capacité économique et financière:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   III.3)Capacité technique et professionnelle:
   La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
   Section IV: Procédure
   IV.1)Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante:
   DSP15-0001.
   IV.2)Modalités de présentation des candidatures:
   Voir ci-après.
   Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées:
   Mairie de Metz, 1 place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention du
   service commande publique, 57036 Metz Cedex 01, FRANCE. Tél.
   0387555963. E-mail: [3]marchesadmin@mairie-metz.fr Fax 0387555937.
   IV.3)Condition de délai:
   Date limite de réception des candidatures: 7.3.2016 (12:00).
   IV.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
   participation:
   Français.
   IV.5)Critères de sélection des offres:
   Décrits dans le document remis aux candidats retenus.
   Section V: Renseignements complémentaires
   V.1)La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par
   des fonds de l'Union européenne:
   Non.
   V.2)Autres informations:
   Conditions de participation
   Liste des documents à fournir:
   1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
   relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
   renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   - une lettre de candidature développant les motivations du candidat et
   les conditions générales dans lesquelles il entend mener à bien
   l'activité déléguée, accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à
   engager le candidat et, en cas de groupement d'opérateurs économiques,
   du pouvoir donné au mandataire par les cotraitants pour la présentation
   du dossier de candidature,
   - une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que:
   * le candidat ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir
   à la présente consultation ou d'une interdiction équivalente dans un
   autre pays,
   * le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de redressement
   judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité. Le cas échéant,
   la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
   * le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années,
   d'une condamnation inscrite au bulletin n^o 2 du casier judiciaire pour
   les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5,
   L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du travail (dans les conditions
   prévues par l'article 9 du décret n^o 97-638 du 31.5.1997),
   * le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L.5212-5 du
   Code du travail ou qu'il a versé la contribution visée à l'article
   L.5212-9 de ce même code pour les personnes assujetties (article
   L.5212-1 du Code du travail) à l'obligation définie aux articles
   L.5212-2, L.5212-3, L.5212-4 du Code du travail (obligation d'employer
   des travailleurs handicapés ou en difficulté),
   * les prestations seront réalisées par des salariés employés
   régulièrement au regard de la législation applicable.
   Les candidats pourront, le cas échéant, s'inspirer du contenu ou
   utiliser les modèles de formulaires utilisés en matière de passation
   des marchés publics (DC 1, DC 2, et autres) téléchargeables sur le site
   du ministère de l'économie
   [4]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
   2. Capacité économique et financière: renseignements et formalités
   nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
   - chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles
   faisant l'objet de la délégation de service public, réalisé au cours
   des 3 derniers exercices clos disponibles,
   - bilans et comptes de résultat pour les 3 derniers exercices clos
   disponibles ou tout autre document reprenant les mêmes données
   concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine
   d'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
   - extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés
   (modèle Kbis) ou équivalent étranger,
   - attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle
   pour l'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
   - montant et composition du capital social, liste des principaux
   actionnaires (détenant plus de 10 % du capital).
   3. Capacité technique: renseignements et formalités nécessaires pour
   évaluer si ces exigences sont remplies: mémoire présentant:
   - le candidat (organisation, moyens humains et matériels),
   - le savoir-faire du candidat dans le domaine d'activité faisant
   l'objet de la délégation de service public,
   - les références pertinentes et détaillées du candidat au cours des 3
   dernières années en rapport avec l'objet de la délégation de service
   public ou tout autre document démontrant son aptitude à assurer
   l'exécution du service public en cause,
   - le cas échéant, tout document complémentaire de présentation, à la
   diligence du candidat.
   4. Conditions de participation:
   - le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les
   autorités compétentes justifiant qu'il a satisfait à ses obligations
   fiscales, parafiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8
   du décret n^o 97-638 du 31.5.1997 et de l'arrêté du 31.1.2003 pris pour
   son application). En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations
   sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas
   prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une
   déclaration sur l'honneur datée et signée. Le candidat établi dans un
   État membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un
   certificat établi par les administrations et organismes du pays
   d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels
   il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur
   l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
   ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un
   pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne
   donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par
   les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
   sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative
   de ce pays. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent
   faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française,
   - le candidat qui, pour une raison justifiée (structure en cours de
   constitution ou nouvellement créée, candidat étranger, etc.), ne serait
   pas en mesure de fournir les justifications requises ci-dessus est
   admis à présenter tout document équivalent à ceux dont la production
   est demandée et à prouver ses capacités économiques, financières et
   techniques par tout moyen approprié,
   - afin de permettre l'appréciation de ses garanties professionnelles et
   financières et de son aptitude à assurer l'égalité des usagers devant
   le service public et la continuité du service public, le candidat peut
   demander que soient également prises en considération les capacités
   professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
   économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus.
   Dans ce cas, le candidat devra justifier des capacités de ces
   opérateurs économiques en fournissant les mêmes documents que ceux dont
   la production lui est demandée par l'autorité délégante. En cas de
   groupement d'opérateurs économiques, l'un d'eux, désigné mandataire,
   sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un opérateur
   économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque
   membre devra fournir l'ensemble des pièces requises par l'autorité
   délégante. En outre, devront être précisés l'identité, le rôle et, eu
   égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement
   dans le cadre du projet. Le groupement attributaire devra
   obligatoirement revêtir la forme d'un groupement solidaire.
   5. Modalités de présentation des candidatures: les dossiers de
   candidature doivent être transmis avant la date limite indiquée
   ci-dessus sous enveloppe fermée:
   - soit par remise directe contre récépissé à l'adresse indiquée
   ci-dessus et aux horaires suivants: de 8:15 à 12:15 et de 14:15 à 17:00
   (le vendredi uniquement jusqu'à 16:30), soit par pli recommandé avec
   avis de réception, à l'adresse suivante: Mairie de Metz, service
   commande publique, 1 place d'Armes, BP 21025, 57036 Metz Cedex 01,
   FRANCE. L'enveloppe portera la mention «Délégation du service public du
   stationnement payant sur voirie de la ville de Metz - candidature - ne
   pas ouvrir avant la séance». Le nom du candidat ne figurera pas sur
   l'enveloppe. La candidature comportera les pièces visées ci-dessus
   ainsi qu'une copie du dossier de candidature au format CD-ROM ou clé
   USB. La transmission des dossiers de candidature par voie électronique
   n'est pas autorisée.
   6. Critères de sélection des candidatures (article L.1411-1, alinéa 3,
   du Code général des collectivités territoriales), sans pondération ni
   ordre d'importance hiérarchique:
   - garanties professionnelles et financières,
   - aptitude à assurer l'égalité des usagers devant le service public et
   la continuité du service public,
   - respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
   aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail.
   7. Informations sur le déroulement de la procédure: le présent appel à
   candidatures a pour but de dresser la liste des candidats admis à
   présenter une offre après examen de leur dossier de candidature. Un
   document de référence pour l'élaboration des offres, désigné «dossier
   de consultation», sera gratuitement remis aux candidats retenus. En
   application de l'article L.1411-1, alinéa 5, du Code général des
   collectivités territoriales, les offres présentées seront librement
   négociées par le représentant de l'autorité délégante avant qu'il ne
   procède au choix du délégataire.
   8. Informations complémentaires: des informations complémentaires
   peuvent être demandées par écrit (télécopie ou courriel) aux
   coordonnées figurant ci-dessus.
   V.3)Procédures de recours
   V.3.1)Instance chargée des procédures de recours:
   Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000
   Strasbourg, FRANCE. Tél. 0388212323. E-mail:
   [5]greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Fax 0388364466.
   V.4)Date d'envoi du présent avis:
   24.12.2015.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - FR-Raismes
Elektrizität
Bedarf für die Stromversorgung
Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Dokument Nr...: 16773-2016 (ID: 2016011909070954871)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  FR-Raismes: Elektrizität
   2016/S 12/2016 16773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Raismes
   Grand Place
   Kontaktstelle(n): Service achats-marchés publics
   Zu Händen von: Mme Descamps
   59590 Raismes
   FRANKREICH
   Telefon: +33 327149414
   E-Mail: [4]achat@ville-raismes.fr
   Fax: +33 327142249
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.achatpublic.com
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.achatpublic.com
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]http://www.achatpublic.com
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://www.achatpublic.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09310000, 31682000, 65300000
   Beschreibung
   Elektrizität.
   Bedarf für die Stromversorgung.
   Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: ELECT
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   EDF Électricité de France Direction collectivités territoriales Nord
   Ouest
   Atria 58 boulevard Carnot
   62001 Arras Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 56 555,19 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 3
References
   4. mailto:achat@ville-raismes.fr?subject=TED
   5. http://www.achatpublic.com/
   6. http://www.achatpublic.com/
   7. http://www.achatpublic.com/
   8. http://www.achatpublic.com/
OT: 19/01/2016    S12    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Raismes: Électricité
   2016/S 012-016773
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Raismes
   Grand Place
   Point(s) de contact: Service achats-marchés publics
   À l'attention de: Mme Descamps
   59590 Raismes
   FRANCE
   Téléphone: +33 327149414
   E-mail: [6]achat@ville-raismes.fr
   Fax: +33 327142249
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.achatpublic.com
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.achatpublic.com
   Accès électronique à l'information: [9]http://www.achatpublic.com
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]http://www.achatpublic.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   CCAS de Raismes
   Grand Place
   59590 Raismes
   FRANCE
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance
   supérieure à 36 kVA et prestations associées.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Divers bâtiments sur territoire communal,
   59590 Raismes.
   Code NUTS FR301
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance
   supérieure à 36 kVA et prestations de services associées.
   9 points de livraisons concernés.
   Groupement de commandes Ville/CCAS.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   09310000, 31682000, 65300000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   ELECT
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 197-356785 du 10.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: ELECT Intitulé: Fourniture et acheminement d'électricité
   pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA et prestations de
   services associées9 points de livraisons concernésgroupement de
   commandes Ville / CCAS -------Le montant de l'offre ci-dessous
   s'apprécie sur une consommation annuelle de référence pour 9 PDL
   estimée à 1210 MH -----
   V.1)Date d'attribution du marché:
   1.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   EDF Électricité de France Direction collectivités territoriales Nord
   Ouest
   Atria 58 boulevard Carnot
   62001 Arras Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 56 555,19 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 3
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-153144, mise en ligne le 8.10.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erdgas - PL-Rybnik
Erdgas
Transport in Rohrfernleitungen
Dokument Nr...: 16873-2016 (ID: 2016011909082854975)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  PL-Rybnik: Erdgas
   2016/S 12/2016 16873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Energia Optimum Sp. z o.o.
   ul. Podmiejska 95
   Zu Händen von: Leszek Rojczyk
   44-207 Rybnik
   POLEN
   Telefon: +48 601066162
   E-Mail: [4]biuro@eopt.pl
   Fax: +48 324246341
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.eopt.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09123000, 60300000
   Beschreibung
   Erdgas.
   Transport in Rohrfernleitungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 3 293 689,42 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   DUON Marketing and Trading S.A.
   ul. Heweliusza 9
   80-890 Gdask
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 978 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 293 689,42 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:biuro@eopt.pl?subject=TED
   5. http://www.eopt.pl/
OT: 19/01/2016    S12    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Rybnik: Gaz ziemny
   2016/S 012-016873
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Energia Optimum Sp. z o.o.
   ul. Podmiejska 95
   Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
   44-207 Rybnik
   POLSKA
   Tel.: +48 601066162
   E-mail: [6]biuro@eopt.pl
   Faks: +48 324246341
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.eopt.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: tak
   Gmina Miedna  Urzd Gminy
   Wiejska 131
   43-227 Miedna
   POLSKA
   Gminny Orodek Kultury w Miednej z/s w Woli
   Pszczyska 110
   43-225 Wola
   POLSKA
   Gmina Goczakowice-Zdrój
   Szkolna 13
   43-230 Goczakowice-Zdrój
   POLSKA
   Gminny Orodek Kultury w Goczakowicach-Zdroju
   Uzdrowiskowa 61
   43-230 Goczakowice-Zdrój
   POLSKA
   Powiat Pszczyski
   3 Maja 10
   43-200 Pszczyna
   POLSKA
   Komenda Powiatowa Stray Poarnej w Pszczynie
   Górnolska 7
   43-200 Pszczyna
   POLSKA
   Gmina Kobiór
   Kobiórska 5
   43-210 Kobiór
   POLSKA
   Gminny Dom Kultury
   Centralna 16
   43-210 Kobiór
   POLSKA
   Gmina Zebrzydowice
   Ks. Antoniego Janusza 6
   43-410 Zebrzydowice
   POLSKA
   Gminny Orodek Kultury w Zebrzydowicach
   ks. Antoniego Janusza 21
   43-410 Zebrzydowice
   POLSKA
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Kompleksowa sprzeda paliwa gazowego dla grupy zakupowej Powiatu
   Pszczyskiego.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Kod NUTS PL225,PL22C
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksow sprzeda gazu ziemnego
   wysokometanowego o symbolu E o cznym szacunkowym wolumenie 18 730 670
   kWh w okresie dostaw, tj. od 1.10.2015 do 31.12.2016, do podmiotów
   wymienionych w zaczniku A do SIWZ. Rozpoczcie dostaw nastpi nie
   wczeniej ni po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowizujcych umów
   kompleksowych na sprzeda paliwa gazowego z obecnym Sprzedawc.
   Wykonawca dokona wszelkich czynnoci i uzgodnie z OSD (Operatorem
   Systemu Dystrybucyjnego) niezbdnych do przeprowadzenia zmiany
   sprzedawcy i skutecznego rozpoczcia sprzeday paliwa gazowego, w tym w
   szczególnoci: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych,
   zgaszania do OSD nowych umów sprzeday paliwa gazowego. Czynnoci te
   Wykonawca wykona na podstawie stosownych penomocnictw udzielonych
   przez zamawiajcego wraz z zawarciem umów sprzeday paliwa gazowego.
   Dostarczane paliwo gazowe musi spenia standardy techniczne zgodnie z
   zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi
   Normami.
   Przewidywane zuycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy.
   Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do bez-kosztowych odchyle od
   przewidywanego zuycia o co najmniej +/-15 %. Wskazan tolerancje
   naley rozumie jako prawo opcji ustalone przez Zamawiajcego w
   rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   09123000, 60300000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 3 293 689,42 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 97
   2. Termin patnoci. Waga 3
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   EE/EG/003/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 129-237199 z dnia 8.7.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   8.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   DUON Marketing and Trading S.A.
   ul. Heweliusza 9
   80-890 Gdask
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 978 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 293 689,42 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800 / 224587803
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - PL-Czstochowa
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dokument Nr...: 16973-2016 (ID: 2016011909093055070)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  PL-Czstochowa: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
   2016/S 12/2016 16973
   Miejski Zarzd Dróg i Transportu w Czstochowie, ul. Popieuszki 4/6,
   Zu Händen von: Marcin Woek, Marek Kosmowski, Czstochowa 42-217,
   POLEN. Telefon: +48 343664337-164. Fax: +48 343664337-160
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 22.12.2015, [1]2015/S
   247-449780)
   Betr.:
   CPV:71322000
   Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
   Anstatt:
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   27.1.2016 (9:30)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   27.1.2016 (10:00)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   1.2.2016 (9:30)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   1.2.2016 (10:00)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449780-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 19/01/2016    S12    - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Czstochowa: Usugi inynierii projektowej w zakresie inynierii
   ldowej i wodnej
   2016/S 012-016973
   Miejski Zarzd Dróg i Transportu w Czstochowie, ul. Popieuszki 4/6,
   Osoba do kontaktów: Marcin Woek, Marek Kosmowski, Czstochowa 42-217,
   POLSKA. Tel.: +48 343664337-164. Faks: +48 343664337-160
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 22.12.2015,
   [1]2015/S 247-449780)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:71322000
   Usugi inynierii projektowej w zakresie inynierii ldowej i wodnej
   Zamiast:
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   27.1.2016 (9:30)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   27.1.2016 (10:00)
   Powinno by:
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   1.2.2016 (9:30)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   1.2.2016 (10:00)
   Inne dodatkowe informacje
   Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
   przetargowej.
   Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-Dresden
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 17073-2016 (ID: 2016011909103755182)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  DE-Dresden: Gebäudereinigung
   2016/S 12/2016 17073
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Staatsbetrieb Sächs.Immobilien- und Baumanagement NL Dresden II
   Ostra-Allee 23
   Kontaktstelle(n): Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
   Baumanagement NL Dresden II
   Zu Händen von: Frau Ritscher
   01067 Dresden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 3514735566
   E-Mail: [6]Ingrid.ritscher@SIB.smf.sachsen.de
   Fax: +49 3514735777
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: SDV Vergabe GmbH
   Tharandter Straße 35
   Kontaktstelle(n): Die Vergabeunterlagen sind bestellbar unter
   www.evergabe.de. Auskünfte zur Bestellung erteilt SDV Vergabe GmbH,
   0351 4203-1444
   01159 Dresden
   DEUTSCHLAND
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Wirtschaft und Finanzen
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Unterhalts- und Grundreinigung TU Dresden.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Dresden.
   NUTS-Code DED21
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   VN 15 FB 500250 Unterhalts- und Grundreinigung TU Dresden RL 4.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90911200
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   15 FB 500251 Unterhalts- und Grundreinigung
   Zeuner-Bau, Frenzel-Bau, Mollier-Bau, Jante-Bau, Neuffer-Bau,
   Hörsaalzentrum, Baracke1 (STURA), Verwaltungsgebäude 1 ZIS
   (Uni mit Kind), Textilmaschinenhalle, Walter-Pauer-Bau, ZET,
   Sachsenberg-Bau, Kutzbach-Bau, Berndt-Bau
   ca. 5 441 850 m^2 jährliche Reinigungsfläche.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 1.5.2016. Abschluss 30.4.2019
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Zum Nachweis Ihrer Fachkunde,
   Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) werden Unterlagen und
   Angaben gefordert, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt
   sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen vorzulegen (§ 7 EG VOL/A).
   Folgende Erklärungen und Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen:
    Nachweis der Eignung durch Vorlage eines gültigen
   Präqualifizierungszertifikates (§ 7 Abs. 4 EG VOL/A) oder die
   nachfolgend im Einzelnen unter a) und b) angekreuzten Erklärungen und
   Nachweise.
   a) Folgende Erklärungen sind mit dem Angebot vorzulegen, sofern kein
   Präqualifikationszertifikat vorgelegt wird:
   1 Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3
   abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit
   der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind,
   1 Referenzliste über vergleichbare Aufträge mit Angabe des
   Rechnungswertes und der Leistungszeit für mindestens fünf Referenzgeber
   sowie dazu gehörige Ansprechpartner und Telefonnummern, bei denen die
   Dienstleistung nicht mehr als 36 Monate zurückliegt oder seit
   mindestens 6 Monaten andauert sowie mindestens 3
   Referenzbescheinigungen zu den in der Referenzliste aufgeführten
   Referenzen:
    bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der
   zuständigen Behörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung,
    bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesem
   ausgestellte Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht
   erhältlich, so ist eine einfache Erklärung des Unternehmens ausreichend
   1 Angaben über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
   Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte,
   gegliedert nach Berufsgruppen,
   1 Angaben über das dem Unternehmen für die Ausführung der zu vergebenen
   Leistung zur Verfügung stehende (=eingeplante) Personal, gegliedert
   nach Berufsgruppen,
   1 der Eintragung in die Handwerksrolle mit Angabe der Registriernummer
   der Handwerkskammer und Eintragungsdatum
   1 Darlegung der zur Verfügung stehenden Ausrüstung und Prozessabläufe
   gemäß Formblatt Erklärung zur Umsetzung des betrieblichen
   Qualitätsmanagements
   b) Wenn der Einsatz von Nachunternehmer geplant ist, ist folgende
   Erklärung mit dem Angebot vorzulegen:
   1 Nachunternehmerverzeichnis
   Die o. g. Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen. Bei der
   Angebotsabgabe sind Kopien der Nachweise ausreichend; Eigenerklärungen
   sind im Original vorzulegen. Die Vergabestelle kann vor
   Zuschlagserteilung die Vorlage der Originale verlangen.
   Ausländische Bieter haben entsprechende Bescheinigungen des jeweiligen
   Herkunftslandes vorzulegen. Wird eine solche Bescheinigung in dem
   betreffenden Land nicht ausgestellt, so kann sie durch eine
   eidesstattliche Erklärung ersetzt werden. In Staaten, in denen es einen
   derartigen Eid nicht gibt, kann dieser durch eine feierliche Erklärung
   ersetzt werden.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Siehe III.2.1).
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Siehe III.2.1).
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Preis. Gewichtung 60
   2. Jährliche Reinigungsstunden in der Unterhaltsreinigung. Gewichtung
   40
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   15 FB 500251
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 37,90 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Papierform der Vergabeunterlagen: 31,85
   EUR zzgl. 19 % MwSt. (Bestellnummer 012824A00, Vergabe-Nr. 15FB500251).
   Bestellung nur im Internet unter [7]www.evergabe.de/vu. Das Entgelt
   wird nicht erstattet. Die Bezahlung erfolgt durch
   SEPA-Lastschriftmandat, Kreditkarte (VISA, MasterCard) oder auf
   Rechnung. Leistungsverzeichnisse ggf. auf CD-ROM. Elektronische Form
   der Vergabeunterlagen: 0 EUR; abrufbar mit kostenpflichtigem Zugang
   unter [8]www.evergabe.de
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   10.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 25.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 10.3.2016 - 14:00
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Mit der Abgabe ihres Angebots unterliegen nicht berücksichtigte
   Bewerber den Bestimmungen des § 22 EG VOL/A. Das Angebot ist nicht
   berücksichtigt worden, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein
   Auftrag erteilt wurde.
   Der Auftraggeber teilt auf Antrag den nicht berücksichtigten Bietern
   die Gründe für die Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile
   des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters
   und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe für ihre
   Nichtberücksichtigung mit (§ 22 Abs. 1 EG VOL/A). Der Antrag ist an die
   unter Nr. 1 genannte Stelle zu richten.
   Der Auftraggeber kann die Informationen zurückhalten, wenn die
   Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im
   öffentlichen Interesse läge oder die berechtigten Geschäftsinteressen
   von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde (§ 22
   Abs. 2 EG VOL/A).
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion
   Leipzig
   Braustraße 2
   04107 Leipzig
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 341-977-1040
   Internet-Adresse: [9]http://www.ldl.sachsen.de
   Fax: +49 341-977-1049
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement NL Dresden II
   Ostra-Allee 23
   01067 Dresden
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]bieteranfragen.d2@sib.smf.sachsen.de
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14.1.2016
References
   6. mailto:Ingrid.ritscher@SIB.smf.sachsen.de?subject=TED
   7. http://www.evergabe.de/vu
   8. http://www.evergabe.de/
   9. http://www.ldl.sachsen.de/
  10. mailto:bieteranfragen.d2@sib.smf.sachsen.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur- und Wartungsdienste - UK-London
Reparatur- und Wartungsdienste
Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
Reparatur und Wartung von Verpflegungseinrichtungen
Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen
Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden
Wartung von Aufzugsanlagen
Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
Dokument Nr...: 17173-2016 (ID: 2016011909112055280)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  UK-London: Reparatur- und Wartungsdienste
   2016/S 12/2016 17173
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   NHS Property Services
   4th Floor, 1 Lower Marsh
   Zu Händen von: Charles Lisa
   SE1 7NT London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [4]procurement@property.nhs.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.property.nhs.uk
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50000000, 50531200, 79993000, 50400000, 50883000, 50730000, 50800000,
   79993100, 50500000, 50720000, 50610000, 50532000, 50712000, 50711000,
   50750000, 50710000
   Beschreibung
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen.
   Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung.
   Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten.
   Reparatur und Wartung von Verpflegungseinrichtungen.
   Reparatur und Wartung von Kühlgruppen.
   Diverse Reparatur- und Wartungsdienste.
   Betriebsmittelverwaltung.
   Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und
   Maschinen.
   Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
   Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung.
   Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und
   zugehörigen Einrichtungen.
   Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden.
   Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden.
   Wartung von Aufzugsanlagen.
   Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen
   in Gebäuden.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:procurement@property.nhs.uk?subject=TED
   5. http://www.property.nhs.uk/
   6. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   7. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   8. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
OT: 19/01/2016    S12    - - Services - Contract notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-London: Repair and maintenance services
   2016/S 012-017173
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   NHS Property Services
   4th Floor, 1 Lower Marsh
   For the attention of: Charles Lisa
   SE1 7NT London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [6]procurement@property.nhs.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.property.nhs.uk
   Address of the buyer profile:
   [8]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Electronic access to information:
   [9]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [10]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Health
   Other: healthcare properties
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   The provision of Core Mechanical and Electrical Maintenance Services 
   Blackburn and Oxfordshire areas.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 1: Maintenance and repair services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance: 
   .
   NUTS code UK
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   NHS Property Services Ltd (NHS PS) previously advertised a contract
   notice (Ref: 245898-2015) for provision of Core Mechanical and
   Electrical maintenance services across its estate of approx. 4 000
   properties in 33 Lots.
   Due to significant changes to the number of properties in Lots 11 and
   25 of the original tender, these Lots were withdrawn and the decision
   has been taken to retender these 2 Lots separately, following an OJEU
   Restricted Procedure.
   The areas covered by this standalone tender are:
   Lot 11  which covers 47 properties in the Blackburn area.
   Lot 25  which covers 10 properties in the Oxfordshire area.
   The maps and property data will provide full details with regards to
   the property locations being covered by this tender exercise.
   Each Lot will be awarded as a separate contact.
   The scope of the Core Mechanical and Electrical maintenance services
   will include planned and reactive maintenance. Please refer the Tender
   Documents for more details.
   All services are to be carried out in compliance with relevant
   legislation, industry guidelines, applicable standards and good
   practice. The proposed contract shall be for a 3 year period with two
   options to extend (refer to Section II.2.2 below for details).
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   50000000, 50531200, 79993000, 50400000, 50883000, 50730000, 50800000,
   79993100, 50500000, 50720000, 50610000, 50532000, 50712000, 50711000,
   50750000, 50710000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: yes
   Tenders may be submitted for one or more lots
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   The required services will be carried out across the sites detailed in
   the tender documents. Details of the site locations can be found in the
   Tender document. The maximum value of the contract awarded to any one
   tenderer will be limited to twice the tenderer's annual turnover.
   II.2.2)Information about options
   Options: yes
   Description of these options: Two one-year options for contract
   extension(s) to be exercised at the Authority's discretion prior to:
   a) the expiry of the initial 36-month contract, and
   b) the expiry of the initial 36-month contract plus one year contract
   extension.
   II.2.3)Information about renewals
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: 36 (from the award of the contract)
   Information about lots
   1)Short description
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   50000000
   3)Quantity or scope
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   The Contracting Authority intends to use an eTendering system in this
   procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: Suppliers Instructions How to Express Interest in
   this Tender~: 1. Register your company on the eSourcing portal (this is
   only required once)  Browse to the eSourcing Portal:
   [11]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk and click the link
   to register  Accept the terms and conditions and click continue 
   Enter your correct business and user details  Note the username you
   chose and click Save when complete  You will shortly receive an
   email with your unique password (please keep this secure) 2. Express an
   Interest in the tender  Login to the portal with the username/password
    Click the PQQs / ITTs Open To All Suppliers link. (These are
   Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any
   registered supplier)  Click on the relevant PQQ/ ITT to access the
   content.  Click the Express Interest button at the top of the page.
    This will move the PQQ /ITT into your My PQQs/ My ITTs page. (This
   is a secure area reserved for your projects only) -You can now access
   any attachments by clicking Buyer Attachments in the PQQ/ ITT
   Details box 3. Responding to the tender  Click My Response under
   PQQ/ ITT Details, you can choose to Create Response or to Decline
   to Respond (please give a reason if declining)  You can now use the
   Messages function to communicate with the buyer and seek any
   clarification  Note the deadline for completion, then follow the
   on-screen instructions to complete the PQQ/ ITT  There may be a
   mixture of online and offline actions for you to perform (there is
   detailed online help available) You must then submit your reply using
   the Submit Response button at the top of the page. If you require any
   further assistance please consult the online help, or contact the
   eTendering help desk.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: See the tender documents for further details.
   Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender
   documents for further details.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   See the tender documents for further details.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   See the tender documents for further details.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   Objective criteria for choosing the limited number of candidates: See
   the tender documents for further details.
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   15.2.2016
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   VI.2)Information about European Union funds
   VI.3)Additional information
   The Contracting Authority intends to use an e-Tendering system in this
   procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bearbeitung und Clearing - FR-Beauvais
Bearbeitung und Clearing
Dokument Nr...: 17273-2016 (ID: 2016011909122555391)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  FR-Beauvais: Bearbeitung und Clearing
   2016/S 12/2016 17273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Conseil départemental de l'Oise
   Direction générale adjointe finances et modernisation, direction de la
   commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault
   Zu Händen von: M. le président du Conseil départemental
   60000 Beauvais
   FRANKREICH
   Telefon: +33 344066060
   E-Mail: [4]ld-commandepublique-sao@oise.fr
   Fax: +33 344027717
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.oise.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66133000
   Beschreibung
   Bearbeitung und Clearing.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Le Chèque Cadhoc
   27-29 avenue des Louvresses  ZAC des Louvresses  BP 32
   92234 Gennevilliers Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 195 000 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:ld-commandepublique-sao@oise.fr?subject=TED
   5. http://www.oise.fr/
   6. http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
OT: 19/01/2016    S12    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Attribution de marché sans publication préalable
   France-Beauvais: Services de traitement d'opérations et services de
   compensation
   2016/S 012-017273
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Conseil départemental de l'Oise
   Direction générale adjointe finances et modernisation, direction de la
   commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault
   À l'attention de: M. le président du Conseil départemental
   60000 Beauvais
   FRANCE
   Téléphone: +33 344066060
   E-mail: [6]ld-commandepublique-sao@oise.fr
   Fax: +33 344027717
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.oise.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Service de délivrance de chèques cadeaux en faveur des agents du
   département de l'Oise.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6b:
   Code NUTS FR222
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le marché a pour objet la délivrance, en faveur des agents du
   département de l'Oise de «Chèques cadeaux» qui seront offerts à
   l'occasion des fêtes de fin d'année et des départs en retraite.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66133000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
   au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
   section 2 de lannexe D1)
   Justification de lattribution du marché sans publication préalable
   dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
   Directive 2004/18/CE
   1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE
   Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
   Le marché est d'un montant inférieur aux seuils fixés par la directive
   2004/18 et a été passé selon une procédure adaptée (articles 26-II, 28
   et 29 du code des marchés publics). La publication préalable d'un avis
   de marché au JOUE n'est pas obligatoire.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15-DRH-CO-12
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Service de délivrance de «Chèques cadeaux» en faveur des
   agents du département de l'Oise
   V.1)Date d'attribution du marché:
   9.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Le Chèque Cadhoc
   27-29 avenue des Louvresses  ZAC des Louvresses  BP 32
   92234 Gennevilliers Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 195 000 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   La consultation est établie selon une procédure adaptée, conformément
   aux articles 26 II, 28 et 29 du code des marchés publics. Le marché
   sera exécuté par émission de bons de commande en application de
   l'article 77 du code des marchés publics. S'agissant d'un marché à bons
   de commande, il est conclu sur sa durée totale (12 mois) sans montant
   minimum et avec un montant maximum de 195 000 EUR (HT). Par conséquent,
   le montant indiqué à la rubrique V.4 est le montant maximum du marché
   sur sa durée totale soit 12 mois.
   Le Conseil d'État ayant jugé, par un arrêt «Société Tropic Travaux
   Signalisation», que «tout concurrent évincé de la conclusion d'un
   contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un
   recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou
   de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas
   échéant, de demandes indemnitaires; que ce recours doit être exercé, y
   compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans
   un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de
   publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la
   fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans
   le respect des secrets protégés par la loi» (CE, 16.7.2007, «Société
   Tropic Travaux Signalisation», n^o 291545), il est précisé que le
   marché peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la
   loi et notamment du secret en matière commerciale et industrielle,
   selon les modalités suivantes:
    par consultation gratuite dans les locaux du Conseil départemental de
   l'Oise, direction générale adjointe finances et modernisation,
   direction de la commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault,
   60000 Beauvais du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à
   17:00 (sur rendez-vous);
    par la délivrance d'une copie sur support papier, dans les conditions
   définies par l'article 35 du décret n^o 2005- 1755 du 30.12.2005
   relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
   réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la
   loi no 78-753 du 17.7.1978;
    par courrier électronique et sans frais. Les demandes de rendez-vous
   ou de délivrance sont à formuler par courrier auprès du Conseil
   départemental de l'Oise  direction générale adjointe finances et
   modernisation  direction de la commande publique  224 bis avenue
   Marcel Dassault  60000 Beauvais, par téléphone (+33 3 44 06 60 92) ou
   par mail [9]ld-commandepublique-sao@oise.fr ).
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif d'Amiens
   14 rue Lemerchier, CS 81114
   80011 Amiens Cedex 1
   E-mail: [10]greffe.ta-amiens@juradm.fr
   Téléphone: +33 322336170
   Adresse internet: [11]http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
   Fax: +33 322336171
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif d'Amiens
   14 rue Lemerchier, CS 81114
   80011 Amiens Cedex 1
   E-mail: [12]greffe.ta-amiens@juradm.fr
   Téléphone: +33 322336170
   Adresse internet: [13]http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
   Fax: +33 322336171
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Computeranlagen und Zubehör - PL-Breslau
Computeranlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 173-2016 (ID: 2016010209270737462)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  PL-Breslau: Computeranlagen und Zubehör
   2016/S 1/2016 173
   Województwo Dolnolskie  Urzd Marszakowski Województwa
   Dolnolskiego, Wybrzee J. Sowackiego 1214, Zu Händen von: Anna
   Nowicka, Wrocaw 50-411, POLEN. Fax: +48 717769702. E-Mail:
   zamowienia.publiczne@umwd.pl
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.12.2015, [1]2015/S
   253-462939)
   Betr.:
   CPV:30200000
   Computeranlagen und Zubehör
   Anstatt:
   V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
   4.
   muss es heißen:
   V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
   6.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462939-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 02/01/2016    S1    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Wrocaw: Urzdzenia komputerowe
   2016/S 001-000173
   Województwo Dolnolskie  Urzd Marszakowski Województwa
   Dolnolskiego, Wybrzee J. Sowackiego 1214, Osoba do kontaktów: Anna
   Nowicka, Wrocaw 50-411, POLSKA. Faks: +48 717769702. E-mail:
   zamowienia.publiczne@umwd.pl
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 31.12.2015,
   [1]2015/S 253-462939)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:30200000
   Urzdzenia komputerowe
   Zamiast:
   V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
   4.
   Powinno by:
   V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
   6.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Einsammeln von Hausmüll - FR-La Chapelle-Basse-Mer
Einsammeln von Hausmüll
Abholung von Siedlungsabfällen
Altpapiersammlung
Dokument Nr...: 17373-2016 (ID: 2016011909131655488)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  FR-La Chapelle-Basse-Mer: Einsammeln von Hausmüll
   2016/S 12/2016 17373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Communauté de communes Loire Divatte
   24440051100014
   84 rue Jean Monnet
   Zu Händen von: M. Corbet Paul, président
   44450 La Chapelle-Basse-Mer
   FRANKREICH
   Telefon: +33 251719216
   E-Mail: [4]melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.centraledesmarches.com/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90511200, 90511000, 90511400
   Beschreibung
   Einsammeln von Hausmüll.
   Abholung von Siedlungsabfällen.
   Altpapiersammlung.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015/007-AO Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Veolia Grandjouan SACO
   6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
   44205 Nantes Cedex 2
   FRANKREICH
   E-Mail: [6]christine.oustry@veolia.com
   Telefon: +33 228037839
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 439 867,54 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 10
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 5
   Auftrags-Nr: 2015/007-AO Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Veolia Grandjouan SACO
   6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
   44205 Nantes Cedex 2
   FRANKREICH
   E-Mail: [7]christine.oustry@veolia.com
   Telefon: +33 228037839
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 38 949,28 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 10
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 5
References
   4. mailto:melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr?subject=TED
   5. http://www.centraledesmarches.com/
   6. mailto:christine.oustry@veolia.com?subject=TED
   7. mailto:christine.oustry@veolia.com?subject=TED
OT: 19/01/2016    S12    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-La Chapelle-Basse-Mer: Services de collecte des ordures
   ménagères
   2016/S 012-017373
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Communauté de communes Loire Divatte
   24440051100014
   84 rue Jean Monnet
   À l'attention de: M. Corbet Paul, président
   44450 La Chapelle-Basse-Mer
   FRANCE
   Téléphone: +33 251719216
   E-mail: [6]melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.centraledesmarches.com/
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages recyclables,
   des journaux-revues-magazines et du verre et prestation de
   conteneurisation.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 16: Services de voirie et d'enlèvement des
   ordures: services d'assainissement et services analogues
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: 84 rue Jean Monnet, 44450 La
   Chapelle-Basse-Mer
   Code NUTS FR511
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché a pour objet les prestations de collecte des ordures
   ménagères et assimilées, des emballages ménagers recyclables et la
   conteneurisation et maintenance des bacs, sur l'ensemble de la
   communauté de communes Loire-Divatte.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   90511200, 90511000, 90511400
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 137-252753 du 18.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015/007-AO Lot nº: 1 - Intitulé: Collecte en porte-à-porte
   des ordures ménagères résiduelles, des emballages et leur transfert
   ainsi que la conteneurisation
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Veolia Grandjouan SACO
   6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
   44205 Nantes Cedex 2
   FRANCE
   E-mail: [9]christine.oustry@veolia.com
   Téléphone: +33 228037839
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 439 867,54 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 10
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 5
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Marché nº: 2015/007-AO Lot nº: 2 - Intitulé: Collecte en apport
   volontaire du verre, des journaux-revues-magazines et leur transfert
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Veolia Grandjouan SACO
   6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
   44205 Nantes Cedex 2
   FRANCE
   E-mail: [10]christine.oustry@veolia.com
   Téléphone: +33 228037839
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 38 949,28 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 10
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 5
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce nº 15-109835, mise en ligne le 16.7.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kartografiedienste - PL-Warschau
Kartografiedienste
Dokument Nr...: 17473-2016 (ID: 2016011909142655579)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  PL-Warschau: Kartografiedienste
   2016/S 12/2016 17473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Miasto Stoeczne Warszawa
   pl. Bankowy 3/5
   Zu Händen von: Dariusz Kowalczyk
   00-950 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 224431420
   E-Mail: [4]dkowalczyk@um.warszawa.pl
   Fax: +48 224431402
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.um.warszawa.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71354000
   Beschreibung
   Kartografiedienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 410 795 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: ZP/DK/271/III-195/15 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Warszawskie Przedsibiorstwo Geodezyjne S.A.
   00-497 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 95 741,91 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 262 925 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Auftrags-Nr: ZP/DK/271/III-195/15 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch
   43-382 Bielsko-Biaa
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 41 823,46 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 147 870 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:dkowalczyk@um.warszawa.pl?subject=TED
   5. http://www.um.warszawa.pl/
OT: 19/01/2016    S12    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi sporzdzania map
   2016/S 012-017473
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Miasto Stoeczne Warszawa
   pl. Bankowy 3/5
   Osoba do kontaktów: Dariusz Kowalczyk
   00-950 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224431420
   E-mail: [6]dkowalczyk@um.warszawa.pl
   Faks: +48 224431402
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.um.warszawa.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej
   dla wybranych obszarów m. st. Warszawy.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
   zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
   krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
   technicznych; usugi bada i analiz technicznych
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Warszawa.
   Kod NUTS PL127
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest usuga wykonania numerycznej mapy
   zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla wybranych obszarów m.st.
   Warszawy.
   Przedmiot zamówienia wyodrbniony jest w 2 czciach zwanych dalej
   Zadaniami:
    Zadanie 1  obszar Dzielnicy Wola o powierzchni 1618 ha,
    Zadanie 2  obszar Dzielnicy Ursus o powierzchni 930 ha.
   Termin realizacji zamówienia ustala si nastpujco:
    dla Zadania 1 (cze 1 zam.)  od dnia podpisania umowy do
   28.11.2016,
    dla Zadania 2 (cze 2 zam.)  od dnia podpisania umowy do
   31.10.2016.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   71354000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 410 795 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena brutto. Waga 90
   2. Termin realizacji Etapu III. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   ZP/DK/271/III-195/15
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 198-359592 z dnia 13.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: ZP/DK/271/III-195/15 Cz nr: 1 - Nazwa: Wykonanie
   numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla
   wybranych obszarów m.st. Warszawy. Zadanie 1  obszar Dzielnicy Wola o
   powierzchni 1618 ha
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   9.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 19
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Warszawskie Przedsibiorstwo Geodezyjne S.A.
   00-497 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 95 741,91 EUR
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 262 925 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: ZP/DK/271/III-195/15 Cz nr: 2 - Nazwa: Wykonanie
   numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla
   wybranych obszarów m.st.Warszawy. Zadanie 2  obszar Dzielnicy Ursus o
   powierzchni 930 ha
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   9.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 18
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch
   43-382 Bielsko-Biaa
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 41 823,46 EUR
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 147 870 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]uzp@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl/
   Faks: +48 224587700
   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   jak w pkt VI.4.1)
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: rodki ochrony
   prawnej s okrelone szczegóowo w dziale VI ustawy Prawo zamówie
   publicznych.
   Przysuguj Wykonawcy a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia
   interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie
   szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy.
   rodki ochrony prawnej wobec ogoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
   Istotnych Warunków Zamówienia przysuguj równie organizacjom wpisanym
   na list o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   jak w pkt VI.4.1)
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Tank- und Behälterreinigung - FR-Clermont-Ferrand
Tank- und Behälterreinigung
Dokument Nr...: 17573-2016 (ID: 2016011909152255690)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  FR-Clermont-Ferrand: Tank- und Behälterreinigung
   2016/S 12/2016 17573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
   Sicherheit
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2009/81/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mindef/Air/SIAÉ
   Atelier industriel de l'aéronautique  161 avenue du Brézet  CS 70501
   Zu Händen von: Directeur de l'AIA Clermont-Ferrand
   63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90913000
   Beschreibung
   Tank- und Behälterreinigung .
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 417 456 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015 15 31 121 000 00 00
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sanitra Fourrier
   Agence de Mérignac, 8 rue André Dousse
   33700 Mérignac
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 417 456 EUR
   ohne MwSt
References
OT: 19/01/2016    S12    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure restreinte
   France-Clermont-Ferrand: Services de nettoyage de cuves et de
   réservoirs
   2016/S 012-017573
   Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
   défense et de la sécurité
   Services
   Directive 2009/81/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Mindef/Air/SIAÉ
   Atelier industriel de l'aéronautique  161 avenue du Brézet  CS 70501
   À l'attention de: Directeur de l'AIA Clermont-Ferrand
   63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   15052- prestations de nettoyage spécifique à l'installation de décapage
   chimique de l'AIA BX.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 18: Services de nettoyage de bâtiments et
   services de gestion de propriétés
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur laccord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Les prestations de nettoyage spécifique à l'installation de décapage
   chimique de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   90913000
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 417 456 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Restreinte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix: comparé à l'offre du moins-disant en prix suivant la méthode
   de dépouillement des offres jointe en annexe au règlement de la
   consultation. Pondération 90
   2. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en
   difficulté: taux de travailleurs handicapés.. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15052MG0X000
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015 15 31 121 000 00 00 Intitulé: 15052- Prestations de
   nettoyage spécifique à l'installation de décapage chimique de l'AIA BX
   V.1)Date d'attribution du marché:
   11.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Sanitra Fourrier
   Agence de Mérignac, 8 rue André Dousse
   33700 Mérignac
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 417 456 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
   6 cours Sablon  BP 129
   63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
   Téléphone: +33 473146100
   Fax: +33 473146129
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand
   Sous-direction des achats/HASJ, à l'attention de Frédéric de Belay, 161
   avenue du Brézet, CS 70501
   63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
   Téléphone: +33 473424435
   Fax: +33 473424550
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer - FR-Paris
Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer
Postbeförderung auf der Straße
Straßentransport/-beförderung
Paketbeförderung
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 17673-2016 (ID: 2016011909163655796)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  FR-Paris: Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer
   2016/S 12/2016 17673
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   [La Poste] direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   Zu Händen von: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 153584229
   E-Mail: [4]anita.delamaire@laposte.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.laposte.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.laposte.fr/fournisseurs
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
   Weitere Auskünfte erteilen: [La Poste] direction opérationnelle
   territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   Zu Händen von: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 153584229
   E-Mail: [9]anita.delamaire@laposte.fr
   Internet-Adresse: [10]http://www.laposte.fr
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: [La Poste]
   direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   Zu Händen von: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 153584229
   E-Mail: [11]anita.delamaire@laposte.fr
   Internet-Adresse: [12]http://www.laposte.fr
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: [La Poste] direction
   opérationnelle territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   Zu Händen von: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 153584229
   E-Mail: [13]anita.delamaire@laposte.fr
   Internet-Adresse: [14]http://www.laposte.fr/fournisseurs
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   Beschreibung
   Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer.
   Postbeförderung auf der Straße.
   Straßentransport/-beförderung.
   Paketbeförderung.
   Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen.
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: CAD 12-20A
   1)Kurze Beschreibung:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 20:00 à 6:00 du lundi au vendredi et de 22:00 à 6:00 les dimanches
   et fériés.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: CAD 12-05B  STP
   1)Kurze Beschreibung:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 5:00 à 13:00 du lundi au samedi et lendemain de férié.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
   Los-Nr: 3 Bezeichnung: MAD 12 PIC Villeneuve
   1)Kurze Beschreibung:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 4:30 à 11:30 du lundi au samedi.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
   Los-Nr: 4 Bezeichnung: MAD 15 Lognes 5 11 LU SA
   1)Kurze Beschreibung:
   Location d'un véhicule industriel 15 conteneurs postaux avec conducteur
   de 5:00 à 11:00 du lundi au samedi.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 14:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
   5. http://www.laposte.fr/
   6. http://www.laposte.fr/fournisseurs
   7. http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
   8. https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
   9. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
  10. http://www.laposte.fr/
  11. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
  12. http://www.laposte.fr/
  13. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
  14. http://www.laposte.fr/fournisseurs
OT: 19/01/2016    S12    - - Services - Avis de marché - Procédure
   négociée
   France-Paris: Location de véhicules industriels avec chauffeur
   2016/S 012-017673
   Avis de marché  secteurs spéciaux
   Services
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   [La Poste] direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   À l'attention de: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 153584229
   E-mail: [6]anita.delamaire@laposte.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale de lentité adjudicatrice: [7]http://www.laposte.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.laposte.fr/fournisseurs
   Accès électronique à l'information:
   [9]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: [La Poste] direction opérationnelle territoriale
   transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   À l'attention de: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 153584229
   E-mail: [11]anita.delamaire@laposte.fr
   Adresse internet: [12]http://www.laposte.fr
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un système
   dacquisition dynamique) peuvent être obtenus: [La Poste] direction
   opérationnelle territoriale transport (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   À l'attention de: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 153584229
   E-mail: [13]anita.delamaire@laposte.fr
   Adresse internet: [14]http://www.laposte.fr
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: [La Poste] direction opérationnelle territoriale transport
   (DOTT)
   6 rue François Bonvin
   À l'attention de: Anita Delamaire
   75737 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 153584229
   E-mail: [15]anita.delamaire@laposte.fr
   Adresse internet: [16]http://www.laposte.fr/fournisseurs
   I.2)Activité principale
   Services postaux
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché par lentité adjudicatrice:
   Locations de 4 véhicules industriels avec conducteurs.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 4: Transports de courrier par transport
   terrestre [3] et par air
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: FR10.
   Code NUTS FR10
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Locations de 4 véhicules industriels avec conducteurs pour l'exécution
   de transports d'envois (courrier, colis, presse, déchets non dangereux
   ...) en Île-de-France et départements limitrophes selon les consignes
   et plages horaires définies par La Poste.
   Selon les lots, les prestations sont à réaliser en porteur 12
   conteneurs postaux (hauteur totale 3.05 m et PTAC 12 tonnes) et en
   porteurs 15 conteneurs postaux (hauteur totale 3.15 m et PTAC 14
   tonnes).
   Tous les véhicules devront être carrossés avec hayon.
   Les véhicules 12 conteneurs postaux doivent être surbaissés (3.05 m)
   ainsi que les 15 conteneurs postaux (3.15 m).
   Le contrat sera passé pour une durée de 36 mois, par période ferme ou
   par prorogations.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Information sur les lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   4 Locations de véhicules industriels avec conducteurs.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options: Les options sont les périodes de
   prorogations éventuelles du contrat.
   À ce titre, les prestations pourront être commandées pendant les
   périodes de prorogations éventuelles du marché.
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
   Information sur les lots
   Lot nº: 1 Intitulé: CAD 12-20A
   1)Description succincte:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 20:00 à 6:00 du lundi au vendredi et de 22:00 à 6:00 les dimanches
   et fériés.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
   Lot nº: 2 Intitulé: CAD 12-05B  STP
   1)Description succincte:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 5:00 à 13:00 du lundi au samedi et lendemain de férié.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
   Lot nº: 3 Intitulé: MAD 12 PIC Villeneuve
   1)Description succincte:
   Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
   de 4:30 à 11:30 du lundi au samedi.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
   Lot nº: 4 Intitulé: MAD 15 Lognes 5 11 LU SA
   1)Description succincte:
   Location d'un véhicule industriel 15 conteneurs postaux avec conducteur
   de 5:00 à 11:00 du lundi au samedi.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Le candidat devra fournir à La Poste avant la signature du contrat 3
   attestations d'assurance avec les dates de validité (RC exploitation,
   RC flotte de véhicule, RC marchandises).
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Financement du marché par les ressources propres de La Poste.
   La Poste procède au paiement dans un délai de 30 jours à compter de la
   date d'émission de la facture.
   Paiement effectué en euro.
   Les sous-traitants bénéficieront du paiement direct dans les conditions
   de la loi n° 75-1334 du 31.12.1975 modifiée.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières:
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
   description de ces conditions: Le prestataire devra fournir à La Poste,
   dans un délai de un mois à compter de la prise d'effet du contrat, le
   récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par
   route de déchets.
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Le candidat remettra, en même temps que la demande de
   participation, les documents indiqués ci-dessous:
   1/ un extrait K-bis de moins de 3 mois ou équivalence
   2/ s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
   prononcés
   3/ une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du
   fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
   à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 (document disponible
   sur [17]http://www.legifrance.gouv.fr)
   4 / L'attestation de capacité professionnelle pour l'exercice des
   activités de transporteur routier de marchandises ou de loueur de
   véhicules industriels.
   La non remise des éléments demandés et des documents sus mentionnés
   dans le présent avis entrainera l'élimination de l'entreprise
   candidate.
   L'ensemble des renseignements demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3
   sera fourni via le modèle de participation ou sous format libre.
   Si le candidat se présente en groupement, il devra fournir une lettre
   de constitution du groupement signée par chacun des membres du
   groupement, précisant les noms ou dénominations, adresses, téléphones,
   télécopies et courriels de chacun des membres, l'identité du mandataire
   et les pouvoirs qui lui sont donnés. Chaque membre du groupement devra
   fournir l'ensemble des renseignements sus visés.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Le candidat devra justifier disposer du parc minimum
   suivant:
   Pour le lot 1: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
   À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
   conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
   son parc.
   Critère éliminatoire.
   Pour le lot 2: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
   À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
   conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
   son parc.
   Critère éliminatoire.
   Pour le lot 3: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
   À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
   conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
   son parc.
   Critère éliminatoire.
   Pour le lot 4: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
   À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
   conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
   son parc.
   Critère éliminatoire.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : oui
   références des dispositions législatives, réglementaires ou
   administratives applicables: Professionnel du transport routier de
   marchandises ou de la location de véhicules industriels: attestation de
   capacité à fournir (voir III.2.1).
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée
   Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
   de certains types de procédures négociées): non
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à confirmer lintérêt ou dans linvitation à présenter une
   offre ou à négocier
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   EUR_2016-000020
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions dobtention du cahier des charges et des documents
   complémentaires (sauf pour un SAD)
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   15.2.2016 - 14:00
   IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.6)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   IV.3.7)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires:
   Le candidat envoie par courrier recommandé avec demande d'avis de
   réception ou dépose contre récépissé à l'adresse du point de contact sa
   demande de participation écrite accompagnée de l'ensemble des documents
   demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3 avant la date et heure limites
   figurant à la rubrique IV.3.4.
   Le candidat souhaitant répondre via le modèle de demande de
   participation pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le
   formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site
   Internet de La Poste (espace fournisseurs:
   [18]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr).
   Seuls les candidats ayant satisfaits aux critères déterminés dans les
   rubriques III.2.1 à III.3.1 seront invités à présenter une offre.
   Le dossier de consultation sera mis à la disposition des candidats
   admis à présenter une offre sur la plate-forme eAchats de La Poste.
   Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les
   suivantes:
    Si le candidat est admis à présenter une offre à l'issue de la
   sélection, il sera invité par l'acheteur à se connecter à la
   plate-forme eAchats par courrier électronique. Ce courrier électronique
   précisera les modalités de connexion.
   Par ailleurs, lors de sa demande de participation via le site Internet
   de La Poste (espace fournisseurs:
   [19]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr), le candidat aura
   préalablement obtenu et validé les conditions générales d'utilisation
   (CGU) de la plate-forme eAchats, puis téléchargé le guide d'utilisation
   eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui
   utilisera la plate-forme eAchats;
    Conditions de connexion à la plate-forme eAchats:
    Un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées
   (HTTPS)
    Une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme
    Un ordinateur équipé soit du navigateur Internet Explorer v9 à v11,
   soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, téléchargeables
   gratuitement respectivement sur [20]http://www.microsoft.com et sur
   [21]http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
   Nota: l'utilisation d'autres logiciels est déconseillée voire
   impossible.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance de Paris
   4 boulevard du Palais
   75001 Paris
   FRANCE
   Téléphone: +33 144325151
   Fax: +33 144327856
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du TGI de Paris
   4 boulevard du Palais
   75055 Paris Cedex 01
   FRANCE
   Téléphone: +33 144325151
   Fax: +33 144327856
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reinigungsdienste - PL-Warschau
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 1773-2016 (ID: 2016010509075339101)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  PL-Warschau: Reinigungsdienste
   2016/S 2/2016 1773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Wojskowe Towarzystwo Budownicwa Spoecznego KWATERA Sp. z o.o.
   ul. Starociska 1
   Zu Händen von: Natalia Markowska
   02-516 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 223794545
   E-Mail: [4]zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl
   Fax: +48 223794543
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]www.kwatera.nieruchomosci.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90910000
   Beschreibung
   Reinigungsdienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 112 147,80 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Borste Service Sp. z o.o.
   ul. Esperanto 14/1
   01-049 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 130 680 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 112 147,80 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl?subject=TED
   5. http://www.kwatera.nieruchomosci.pl/
OT: 05/01/2016    S2    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi sprztania
   2016/S 002-001773
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Wojskowe Towarzystwo Budownicwa Spoecznego KWATERA Sp. z o.o.
   ul. Starociska 1
   Osoba do kontaktów: Natalia Markowska
   02-516 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 223794545
   E-mail: [6]zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl
   Faks: +48 223794543
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.kwatera.nieruchomosci.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Budownictwo i obiekty komunalne
   Inny: zarzdzanie nieruchomociami
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonanie usug w zakresie sprztania i utrzymania czystoci w
   czciach wspólnych i na terenie zewntrznym nieruchomoci pooonej w
   Legionowie przy ul. Piaskowej.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 14: Usugi sprztania budynków i usugi zarzdzania
   mieniem
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Legionowo, ul. Piaskowa.
   Kod NUTS PL12
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Wykonanie usug w zakresie sprztania i utrzymania czystoci w
   czciach wspólnych i na terenie zewntrznym nieruchomoci pooonej w
   Legionowie przy ul. Piaskowej.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90910000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 112 147,80 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 95
   2. Czas wykonania interwencyjnego sprztania po wystpieniu awarii.
   Waga 5
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   WZP.WZN.106.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 197-357602 z dnia 10.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 8
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Borste Service Sp. z o.o.
   ul. Esperanto 14/1
   01-049 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 130 680 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 112 147,80 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224588701
   Faks: +48 224588700
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Dokadne
   informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z dziaem VI 
   rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówie publicznych.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224588701
   Faks: +48 224588700
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen - CH-Münchenstein
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 17773-2016 (ID: 2016011909172955838)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
  CH-Münchenstein: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
   2016/S 12/2016 17773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Münchenstein, Bauverwaltung
   Schulackerstraße 4
   Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
   4142 Münchenstein
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]sandra.thomann@muenchenstein.ch
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung
   Schulackerstraße 4
   Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
   4142 Münchenstein
   SCHWEIZ
   E-Mail: [7]sandra.thomann@muenchenstein.ch
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Münchenstein: Submission Abfallsammlungen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 16: Abfall- und Abwasserbeseitigung,
   sanitäre und ähnliche Dienstleistungen
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 4142
   Münchenstein.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut (inkl. Gewerbekehricht,
   Grobsperrgut und Metallen), Bioabfällen (Gartenabfällen und
   Küchenabfällen), Papier und Karton (getrennt), sowie Glas und
   Alu/Weissblech.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für alle Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 1: Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut,
   Gewerbekehricht und Grobsperrgut sowie Metallen.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 2 000 t.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 2: Sammlung und Transport von Bioabfällen (Gartenabfällen
   und Küchenabfällen).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 450 t.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 3
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 3: Sammlung und Transport von Papier und Karton
   (getrennt).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 750 t Papier, +/- 180 t Karton.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 4
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 4: Sammlung und Transport von Glas (Bruchglas) und
   Alu/Weissblech.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 420 t Glas, +/- 26 t Alu/Weissblech.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Anbieter in Form von Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen und müssen
   dies entsprechend ausweisen. Es ist anzugeben, welche Firma dabei
   federführend ist. Es muss klar ersichtlich sein, welche Firma der
   Arbeitsgemeinschaft welche Leistungen erbringt.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:
   Angebote sind schriftlich, vollständig und innerhalb der angegebenen
   Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten
   Vorgaben einhalten.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
   Dialog aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Zahlungsbedingungen und -weise: Keine.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 16:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 1.1.2017
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Teilangebote sind zugelassen.
   Verhandlungen: keine.
   Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft.
   Rechtsmittelbelehrung: Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese
   Publikation innerhalb von 10 Tagen, nach seiner Publikation im
   Amtsblatt an gerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und
   Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
   erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen
   aufschiebende Wirkung zu. Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher
   Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und
   die Unterschrift der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden
   Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des
   Auftrags) ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor
   Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
   kostenpflichtig.
   Liefertermin / Bemerkungen: Unternehmervarianten sind nicht zulässig
   und werden nicht berücksichtigt.
   Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
   versehen mit der offiziellen Adressetikette, mit der Aufschrift
   Münchenstein: Submission Abfallsammlungen , an die Gemeinde
   Münchenstein, Bauverwaltung, Schulackerstraße 4, 4142 Münchenstein
   einzureichen. Maßgebend ist das Eintreffen des Angebots bei der
   angegebenen Adresse und nicht das Datum des Poststempels. Persönliche
   Abgabe am Empfangsschalter der Bauverwaltung möglich.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.1.2016, Dok. 896605.
   Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 27.1.2016.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14.1.2016
References
   6. mailto:sandra.thomann@muenchenstein.ch?subject=TED
   7. mailto:sandra.thomann@muenchenstein.ch?subject=TED
OT: 19/01/2016    S12    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung -
   Offenes Verfahren
   die Schweiz-Münchenstein: Dienstleistungen im Zusammenhang mit
   Siedlungs- und anderen Abfällen
   2016/S 012-017773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Münchenstein, Bauverwaltung
   Schulackerstraße 4
   Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
   4142 Münchenstein
   SCHWEIZ
   E-Mail: [6]sandra.thomann@muenchenstein.ch
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung
   Schulackerstraße 4
   Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
   4142 Münchenstein
   SCHWEIZ
   E-Mail: [7]sandra.thomann@muenchenstein.ch
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Münchenstein: Submission Abfallsammlungen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 16: Abfall- und Abwasserbeseitigung,
   sanitäre und ähnliche Dienstleistungen
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 4142
   Münchenstein.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut (inkl. Gewerbekehricht,
   Grobsperrgut und Metallen), Bioabfällen (Gartenabfällen und
   Küchenabfällen), Papier und Karton (getrennt), sowie Glas und
   Alu/Weissblech.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für alle Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 1: Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut,
   Gewerbekehricht und Grobsperrgut sowie Metallen.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 2 000 t.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 2: Sammlung und Transport von Bioabfällen (Gartenabfällen
   und Küchenabfällen).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 450 t.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 3
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 3: Sammlung und Transport von Papier und Karton
   (getrennt).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 750 t Papier, +/- 180 t Karton.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 4
   1)Kurze Beschreibung
   Teilleistung 4: Sammlung und Transport von Glas (Bruchglas) und
   Alu/Weissblech.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90500000
   3)Menge oder Umfang
   +/- 420 t Glas, +/- 26 t Alu/Weissblech.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Anbieter in Form von Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen und müssen
   dies entsprechend ausweisen. Es ist anzugeben, welche Firma dabei
   federführend ist. Es muss klar ersichtlich sein, welche Firma der
   Arbeitsgemeinschaft welche Leistungen erbringt.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:
   Angebote sind schriftlich, vollständig und innerhalb der angegebenen
   Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten
   Vorgaben einhalten.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
   Dialog aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Zahlungsbedingungen und -weise: Keine.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 16:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 1.1.2017
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Teilangebote sind zugelassen.
   Verhandlungen: keine.
   Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft.
   Rechtsmittelbelehrung: Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese
   Publikation innerhalb von 10 Tagen, nach seiner Publikation im
   Amtsblatt an gerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und
   Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
   erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen
   aufschiebende Wirkung zu. Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher
   Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und
   die Unterschrift der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden
   Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des
   Auftrags) ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor
   Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
   kostenpflichtig.
   Liefertermin / Bemerkungen: Unternehmervarianten sind nicht zulässig
   und werden nicht berücksichtigt.
   Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
   versehen mit der offiziellen Adressetikette, mit der Aufschrift
   Münchenstein: Submission Abfallsammlungen , an die Gemeinde
   Münchenstein, Bauverwaltung, Schulackerstraße 4, 4142 Münchenstein
   einzureichen. Maßgebend ist das Eintreffen des Angebots bei der
   angegebenen Adresse und nicht das Datum des Poststempels. Persönliche
   Abgabe am Empfangsschalter der Bauverwaltung möglich.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.1.2016, Dok. 896605.
   Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 27.1.2016.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen - DE-Langen
Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
Dokument Nr...: 17873-2016 (ID: 2016012009015856036)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  DE-Langen: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
   2016/S 13/2016 17873
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Asklepios Kliniken Langen  Seligenstadt GmbH
   Röntgenstraße 20
   Zu Händen von: Herrn See
   63225 Langen
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6174901242
   E-Mail: [6]j.see@asklepios.com
   Fax: +49 6174901212
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.asklepios.com
   Weitere Auskünfte erteilen: Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft
   mbH, KB Architektur und Bau
   Debusweg 3
   Zu Händen von: Hrn. See
   61462 Königstein-Falkenstein
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6174901242
   E-Mail: [8]j.see@asklepios.com
   Fax: +49 6174901212
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, KB
   Architektur und Bau
   Debusweg 3
   Zu Händen von: Hrn. See
   61462 Königstein-Falkenstein
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6174901242
   E-Mail: [9]j.see@asklepios.com
   Fax: +49 6174901212
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Asklepios Kliniken
   Verwaltungsgesellschaft mbH, KB Architektur und Bau
   Debusweg 3
   Zu Händen von: Hrn. See
   61462 Königstein-Falkenstein
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6174901242
   E-Mail: [10]j.see@asklepios.com
   Fax: +49 6174901212
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Krankenhausbetreiber
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   LAN 2.281.11 ZUB  3. BA: Los 03 Außenfenster und -türen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Röntgenstraße 20, 63225 Langen.
   NUTS-Code DE71C
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Los 03 Außenfenster und -türen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45215100, 45421100
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 25.4.2016. Abschluss 5.7.2019
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Vertragserfüllungsbürgschaft: 10 % der Bruttoauftragssumme bzw.
   Sicherheitseinbehalt bei Abschlagsrechnungen (wenn keine
   Vertragserfüllungsbürgschaft vorliegt ): 10 % der Bruttoauftragssumme.
   Gewährleistungseinbehalt bei Schlussrechnung: 5 % der Bruttosumme
   (ablösbar durch Bankbürgschaft einer deutschen Geschäftsbank oder
   Sparkasse) einschl. evtl. genehmigter Nachträge.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Abschlagszahlungen: 30 Tage nach Eingang der geprüften
   Rechnungsunterlagen.
   Schlusszahlung: 60 Tage nach Eingang der geprüften Rechnungsunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem
   Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Rückfragen sind ausschließlich
   schriftlich, per E-Mail, einzureichen.
   Die Sammelbeantwortung aller Fragen erfolgt an alle Bieter
   gleichzeitig.
   Fristen siehe EFB-Blätter.
   Nach Auftragsvergabe erfolgen alle Planläufe ausschließlich digital
   über einen vom AG verwalteten Datenraum.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
   anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
   zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
   und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Preis. Gewichtung 100
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   LAN_2.281.11_Los 03
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 19.2.2016 - 12:00
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 10:30
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 1.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 3.3.2016 - 10:30
   Ort:
   Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH,
   KB Bau, Besprechungsraum. 1. OG,
   Debusweg 3, 61462 Königstein  Falkenstein
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die
   Bieter oder deren bevollmächtigter Vertreter (jeweils max. 1 Person pro
   Bieter).
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Kostenfreier Download der Unterlagen auf:
   [11]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=9E1BPTZ8G6U
   QD4MR
   Nachr. HAD-Ref.: 352/427.
   Nachr. V-Nr/AKZ: LAN_2.281.11_Los 03.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   15.1.2016
References
   6. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
   7. http://www.asklepios.com/
   8. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
   9. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
  10. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
  11. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=9E1BPTZ8G6UQD4MR
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Bauwerke - PL-Police
Diverse Bauwerke
Dokument Nr...: 17973-2016 (ID: 2016012009024656145)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  PL-Police: Diverse Bauwerke
   2016/S 13/2016 17973
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police S.A.
   Kunicka 1
   Zu Händen von: Marek Lipiski
   72-010 Police
   POLEN
   Telefon: +48 913173266
   E-Mail: [4]marek.lipinski@grupaazoty.com
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.grupaazoty.com
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44112000
   Beschreibung
   Diverse Bauwerke.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   26.1.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:marek.lipinski@grupaazoty.com?subject=TED
   5. http://www.grupaazoty.com/
OT: 20/01/2016    S13    - - Roboty budowlane - Ogoszenie o zamówieniu -
   Procedura otwarta
   Polska-Police: Róne konstrukcje budowlane
   2016/S 013-017973
   Ogoszenie o zamówieniu
   Roboty budowlane
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police S.A.
   Kunicka 1
   Osoba do kontaktów: Marek Lipiski
   72-010 Police
   POLSKA
   Tel.: +48 913173266
   E-mail: [6]marek.lipinski@grupaazoty.com
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.grupaazoty.com
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: spóka akcyjna
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: substancje chemiczne, nawozy, wiedza i badania, innowacje,
   energia
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Modelowanie, projekt wykonawczy, wykonanie i monta kanaów spalin
   odsiarczonych (zimnych) oraz projekt wykonawczy, wykonanie i monta
   fundamentów i podpór kanaów spalin odsiarczonych (zimnych) kotów K-1
   i K-2 Elektrociepowni nr 2 w Grupie Azoty Zakady Chemiczne Police
   S.A.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Roboty budowlane
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Grup Azoty Zakady Chemiczne Police
   SA.
   Kod NUTS PL425
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Zawarty wSIWZ dostpnej na stronie [8]www.grupaazoty.com
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   44112000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Zawarty wSIWZ dostpnej na stronie [9]www.grupaazoty.com
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Okres w miesicach: 8 (od udzielenia zamówienia)
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [10]www.grupaazoty.com
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [11]www.grupaazoty.com
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [12]www.grupaazoty.com
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [13]www.grupaazoty.com
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [14]www.grupaazoty.com
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [15]www.grupaazoty.com
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena. Waga 80
   2. Dowiadczenie. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   GZU/1170A/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Dokumenty odpatne: nie
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   26.1.2016 - 14:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 90 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 27.1.2016 - 10:00
   Miejscowo:
   Police.
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Laborreagenzien - RO-Craiova
Laborreagenzien
Dokument Nr...: 18073-2016 (ID: 2016012009041656247)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  RO-Craiova: Laborreagenzien
   2016/S 13/2016 18073
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Str. Tabaci nr. 1, Zu
   Händen von: Daniela Dinescu , Craiova 200642, RUMÄNIEN. Telefon: +40
   251502445. Fax: +40 251502445. E-Mail: it-suj@olteniaonline.ro
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
   248-451280)
   Betr.:
   CPV:33696500
   Laborreagenzien
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 15.1.2016 se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451280-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 20/01/2016    S13    - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Craiova: Reactivi de laborator
   2016/S 013-018073
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Str. Tabaci nr. 1, În
   atenia: Daniela Dinescu , Craiova 200642, ROMÂNIA. Telefon: +40
   251502445. Fax: +40 251502445. E-mail: it-suj@olteniaonline.ro
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 23.12.2015,
   [1]2015/S 248-451280)
   În ceea ce privete:
   CPV:33696500
   Reactivi de laborator
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
   Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor
   initiale in data de 15.1.2016 se va accesa detaliul anuntului original
   consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sicherheitssoftwarepaket - CZ-Prag
Sicherheitssoftwarepaket
Dokument Nr...: 18173-2016 (ID: 2016012009053656340)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  CZ-Prag: Sicherheitssoftwarepaket
   2016/S 13/2016 18173
   Vorinformation
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ministerstvo obrany  eská republika
   60162694
   Tychonova 221/1
   Kontaktstelle(n): Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OKIS
   Zu Händen von: Zdeka Janotková
   160 00 Praha 6
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 973215164
   E-Mail: [3]zdenka.janotkova@army.cz
   Fax: +420 973215101
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://wwww.army.cz
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.tenderarena.cz
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   48730000
   Beschreibung
   Sicherheitssoftwarepaket .
References
   3. mailto:zdenka.janotkova@army.cz?subject=TED
   4. http://wwww.army.cz/
   5. http://www.tenderarena.cz/
OT: 20/01/2016    S13    - - Dodávky - Pedbné oznámení bez výzvy
   k úasti v souti - Nehodící se
   eská republika-Praha: Balík program pro zabezpeení
   2016/S 013-018173
   Oznámení pedbných informací
   Dodávky
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Ministerstvo obrany  eská republika
   60162694
   Tychonova 221/1
   Kontaktní místo: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OKIS
   K rukám: Zdeka Janotková
   160 00 Praha 6
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 973215164
   E-mail: [5]zdenka.janotkova@army.cz
   Fax: +420 973215101
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [6]http://wwww.army.cz
   Adresa profilu kupujícího: [7]http://www.tenderarena.cz
   Dalí informace lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Ministerstvo nebo jiný celostátní i federální orgán vetn jejich
   organizaních sloek
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   Obrana
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II.B: Pedmt zakázky (Dodávky nebo sluby)
   II.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
   Programové vybavení pro podporu komplexní správy uivatel, klasifikace
   a bezpenosti dat.
   II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnní
   Dodávky
   Praha.
   Kód NUTS CZ010
   II.3)Informace o rámcové smlouv
   Oznámení se týká uzavení rámcové smlouvy: ne
   II.4)Struný popis pedmtu a rozsahu i hodnoty dodávek nebo slueb:
   Nákup programového vybavení sbliující kvalitu a správu dat, datové
   politiky, ízení proces a ízení rizik v oblasti zpracování dat,
   kterým se bude vykonávat aktivní kontrola nad procesy a metodami, a
   který je vyadován pro maximální efektivitu a bezpenost.
   uvete pedpokládanou hodnotu bez DPH: 30 743 800 CZK
   ásti zakázky
   Rozdlení zakázky na ásti: ne
   II.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   48730000
   II.6)Pedpokládané datum zahájení zadávacího ízení
   II.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
   II.8)Dalí informace:
   Odvodnní úelnosti veejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona .
   137/2006 Sb.:
   a) cílem veejné zakázky je dosaení aktivní kontroly nad procesy a
   metodami a získání maximální efektivity a bezpenosti;
   b) pedmtem veejné zakázky je uzavení smlouvy na dodávku
   programového vybavení;
   c) v pípad nerealizovatelnosti nákupu je riziko, e nebude moné
   dostaten monitorovat a ídit správu dat, datové politiky systém,
   ízení proces a rizik v oblasti zpracování dat informaních systém
   rezortu, jejím prostednictvím je nutné vykonávat aktivní kontrolu nad
   procesy a metodami, které jejich správci a administrátoi potebují pro
   maximální efektivitu a bezpenost dat a informací v nich zpracovaných a
   ukládaných;
   d) pedpokládaný termín plnní je do 60 dn od podpisu kupní smlouvy.
   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
   III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
   na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   III.2)Podmínky úasti
   III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   VI.3)Informace o obecném právním rámci
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Feuerwehrfahrzeuge - DE-Bad Homburg vor der Höhe
Feuerwehrfahrzeuge
Dokument Nr...: 18273-2016 (ID: 2016012009065656450)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  DE-Bad Homburg vor der Höhe: Feuerwehrfahrzeuge
   2016/S 13/2016 18273
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Bad Homburg vor der Höhe  Der Magistrat, Fachbereich Recht 
   Vergabestelle -
   Bahnhofstraße 16-18
   Zu Händen von: Olaf Lottko
   61352 Bad Homburg vor der Höhe
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61721003030
   E-Mail: [6]vergabestelle@bad-homburg.de
   Fax: +49 61721003099
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.bad-homburg.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [8]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCS
   IXRZ
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [9]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCS
   IXRZ
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Feuerwache, Feuerwehrfahrzeug.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Stadt Bad Homburg v. d. Höhe  Der Magistrat, Fachbereich
   Bevölkerungsschutz, 61343 Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland.
   NUTS-Code DE718
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Lieferung von zwei Wechselladefahrzeugen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34144210
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Lieferung von 2 Wechselladefahrzeugen.
   Bei der geplanten Auftragsvergabe handelt es sich um die Lieferung von
   2 Wechselladerfahrzeuge in Anlehnung an die DIN 14505 mit einer
   Besatzung (1+1), gemäß allen in diesem Zusammenhang geltenden Normen,
   der StVZO, sowie insbesondere DIN 14505-1 und Teil 5, DIN EN 1846-1 bis
   -3, EDIN 14502-2, DIN 15004, BGI 610, BGV D8, EN 13001 sowie 9. GPGSGV.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 1.9.2016. Abschluss 30.12.2016
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: 3-Achs-LKW-Fahrgestell
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung von zwei 3-Achs-LKW-Fahrgestellen mit einer gelenkten
   Vorderachse, einer Antriebsachse und einer gelenkten Nachlauflenkachse
   zum nachträglichen Aufbau von 2 Wechselladeeinrichtungen mit Krananlage
   und Hakenanlage.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34144210
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Fahrgestellaufbau
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung und Montage zweier Ladekräne sowie zwei
   Abrollkipper/Wechselladereinrichtungen zur Montage auf zwei 3-Achser
   LKW-Fahrgestellen.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34144210
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Keine.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Gem. Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs.
   1 VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs.
   2 VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs. 3 VOL/A), die in Form
   anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, sind im
   Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
   Dialog aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   HG-2016-0003
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 25.2.2016 - 00:00
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 10 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise:
   Überweisung/Verrechnungsscheck. Erstattung: nein. Die Vergabeunterlagen
   werden nur versandt oder herausgegeben, wenn der Nachweis über die
   Einzahlung beigefügt ist bzw. vorgelegt wird. Bitte unbedingt als
   Verwendungszweck angeben: Angabe Kassenzeichen: FAD 138211.IBAN: DE58
   5125 0000 0001 0140 05BIC-Code: HELADEF1TSK.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   2.3.2016 - 14:15
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 15.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Fragen zu den Vergabeunterlagen können nur bis zum 24.2.2016 in
   Textform unter [10]vergabestelle@bad-homburg.de gestellt werden. Danach
   eingehende Fragen können nicht mehr beantwortet werden.
   Mit dem Angebot sind Referenzen und eine technische Beschreibung
   einzureichen. Nähere Angaben siehe Vergabeunterlagen.
   Für Los 2 ist mit dem Angebot zusätzlich eine Zeichnung und eine
   Gewichtsbilanz mit dem Angebot einzureichen. Nähere Angaben siehe
   Vergabeunterlagen.
   Nachr. HAD-Ref.: 16/497.
   nachr. V-Nr/AKZ: HG-2016-0003.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude Wilhelminenstr. 1-3, Fristenbriefkasten Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
   Antrag ist unzulässig, wenn Verstöße gegen Vergabevorschriften, die auf
   Grund dieser Bekanntmachung (§107 Abs. 3 Nr. 2 GWB) oder in den
   Vergabeunterlagen (§107 Abs. 3 Nr. 3 GWB) erkennbar sind, nicht bis zum
   Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe
   gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.
   Ergeht eine Mitteilung des Aufraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
   wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
   ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
   Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
   Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
   GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Wilhelminenstr. 1-3
   64278 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   15.1.2016
References
   6. mailto:vergabestelle@bad-homburg.de?subject=TED
   7. http://www.bad-homburg.de/
   8. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCSIXRZ
   9. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCSIXRZ
  10. mailto:vergabestelle@bad-homburg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Orthopädische Prothesen - RO-Bucuresti
Orthopädische Prothesen
Dokument Nr...: 18373-2016 (ID: 2016012009081956559)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  RO-Bucuresti: Orthopädische Prothesen
   2016/S 13/2016 18373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
   Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
   Kontaktstelle(n): Serviciul Achizitii Publice
   Zu Händen von: ec. Daniela Dobos
   050098 Bucuresti
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 213128104
   E-Mail: [4]achizitiipublice.suub@gmail.com
   Fax: +40 213180554
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.suub.ro
   Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33183200
   Beschreibung
   Orthopädische Prothesen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 798 000 RON
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1612
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SC Biomatrix System SRL
   Sos. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc. 1, et. 6, ap. 24, camera 1
   021344 Bucuresti
   RUMÄNIEN
   E-Mail: [7]biomatrixsystem@yahoo.com
   Telefon: +40 722766871
   Fax: +40 372877467
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 800 000 RON
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 798 000 RON
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 48
References
   4. mailto:achizitiipublice.suub@gmail.com?subject=TED
   5. http://www.suub.ro/
   6. http://www.e-licitatie.ro/
   7. mailto:biomatrixsystem@yahoo.com?subject=TED
OT: 20/01/2016    S13    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
   deschis
   România-Bucuresti: Proteze ortopedice
   2016/S 013-018373
   Anun de atribuire a contractului
   Produse
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
   Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
   Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
   În atenia: ec. Daniela Dobos
   050098 Bucuresti
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 213128104
   E-mail: [6]achizitiipublice.suub@gmail.com
   Fax: +40 213180554
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa general a autoritii contractante: [7]www.suub.ro
   Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv
   subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
   I.3)Activitate principal
   Sntate
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului
   Furnizare proteze cervico-cefalice tip Moore
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Produse
   Cumprare
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Bucuresti, Spl. Independenteri nr. 169, sector 5.
   Cod NUTS RO321
   II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
   dinamic (SAD)
   Anunul implic încheierea unui acord-cadru
   II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   Achizitionare proteze cervico-cefalica tip Moore.
   II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   33183200
   II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): da
   II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   Valoare: 798 000 RON
   Fr TVA
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Deschis
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   S-a organizat o licitaie electronic: nu
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   Anun de participare
   Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 115-208165 din 17.6.2015
   Seciunea V: Atribuirea contractului
   Contract nr: 1612 Denumire: Furnizare proteze cervico-cefalice tip
   Moore
   V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
   12.1.2016
   V.2)Informaii privind ofertele
   Numrul de oferte primite: 4
   V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
   o decizie de atribuire a contractului
   SC Biomatrix System SRL
   Sos. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc. 1, et. 6, ap. 24, camera 1
   021344 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [10]biomatrixsystem@yahoo.com
   Telefon: +40 722766871
   Fax: +40 372877467
   V.4)Informaii privind valoarea contractului
   Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
   Valoare: 800 000 RON
   Fr TVA
   Valoarea total final a contractului:
   Valoare: 798 000 RON
   Fr TVA
   În cazul unei valori anuale sau lunare:
   Numrul de luni: 48
   V.5)Informaii privind subcontractarea
   Este posibil subcontractarea: nu
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: nu
   VI.2)Informaii suplimentare:
   In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
   preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor
   ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in
   vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de
   documente care contin noi preturi. Autoritatea contractanta isi rezerva
   dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in
   cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012
   acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
   VI.3)Ci de atac
   VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [11]office@cnsc.ro
   Telefon: +40 213104641
   Adres Internet: [12]http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / 218900745
   VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
   VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
   Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
   050098 Bucuresti
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 213140015
   Fax: +40 213140015
   VI.4)Data expedierii prezentului anun:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Synthetische Fasern - FR-Aix-en-Provence
Synthetische Fasern
Dokument Nr...: 18473-2016 (ID: 2016012009090256653)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  FR-Aix-en-Provence: Synthetische Fasern
   2016/S 13/2016 18473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Groupements de commandes
   109 avenue du Petit Barthélémy, bâtiment administratif  2ème étage
   Kontaktstelle(n): Groupement des commandes hôtelières
   13617 Aix-en-Provence Cedex 1
   FRANKREICH
   Telefon: +33 442161754
   E-Mail: [4]groupement.hotelier@ch-montperrin.fr
   Fax: +33 442161750
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.klekoon.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   19720000
   Beschreibung
   Synthetische Fasern.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
   59251 Halluin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 32 441 EUR
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Groupe Pierre le Goff
   rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
   44860 Pont-Saint-Martin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 109 EUR
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Groupe Pierre le Goff
   rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
   44860 Pont-Saint-Martin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 375 EUR
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 820 EUR
   Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 908 EUR
   Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 52 733 EUR
   Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lot déclaré infructueux
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 13 423 EUR
   Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Compagnie Européenne D'Exportation
   ZI La Marinière 14 rue Gutenberg
   91070 Bondoufle
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 96 738 EUR
   Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 14 076 EUR
   Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 47 934 EUR
   Los-Nr: 12
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lot déclaré sans suite
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:groupement.hotelier@ch-montperrin.fr?subject=TED
   5. http://www.klekoon.com/
OT: 20/01/2016    S13    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Aix-en-Provence: Fibres synthétiques
   2016/S 013-018473
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Groupements de commandes
   109 avenue du Petit Barthélémy, bâtiment administratif  2ème étage
   Point(s) de contact: Groupement des commandes hôtelières
   13617 Aix-en-Provence Cedex 1
   FRANCE
   Téléphone: +33 442161754
   E-mail: [6]groupement.hotelier@ch-montperrin.fr
   Fax: +33 442161750
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.klekoon.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Produits en non tisse et a usage unique.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Établissements adhérents au Groupement
   (dépts 13, 26 et 84).
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Achat de produits en non tissé et à usage unique (blouse, masques, kit
   pyjama, articles coiffants...).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   19720000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix
   2. Valeur technique
   3. Prestations accessoires a la vente
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: PNT.01  vêtements en non tissé
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
   59251 Halluin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 32 441 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 2 - Intitulé: PNT.02  articles coiffants
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Groupe Pierre le Goff
   rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
   44860 Pont-Saint-Martin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 22 109 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 3 - Intitulé: PNT.03  kit visiteur non stérile
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Groupe Pierre le Goff
   rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
   44860 Pont-Saint-Martin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 1 375 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 4 - Intitulé: PNT.04  kit pyjama patient
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 5 820 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 5 - Intitulé: PNT.05  kit opéré
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 4 908 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 6 - Intitulé: PNT.06  masques
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 52 733 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 7 - Intitulé: PNT.07  bavoirs pour adulte
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Lot déclaré infructueux
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 8 - Intitulé: PNT.08  surchaussures
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 13 423 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 9 - Intitulé: PNT.09  gant de toilette
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Compagnie Européenne D'Exportation
   ZI La Marinière 14 rue Gutenberg
   91070 Bondoufle
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 96 738 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 10 - Intitulé: PNT.10  tablier de protection
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   CA Diffusion
   ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
   59250 Halluin
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 14 076 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 11 - Intitulé: PNT.11  rouleau pour table d'examen
   V.1)Date d'attribution du marché:
   7.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Paredes CSE
   1 rue Michel Garnier, ZI Rousset  BP 40
   13106 Rousset Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 47 934 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 12 - Intitulé: PNT.12  Linge plat
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Lot déclaré sans suite
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n^o 15-135299, mise en ligne le 3.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung - PL-Krakau
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
Chirurgische Suturen
Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
Dokument Nr...: 18573-2016 (ID: 2016012009101656759)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  PL-Krakau: Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
   2016/S 13/2016 18573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Krakowie
   ul. Wielicka 265
   Zu Händen von: Maria Ggol
   30-663 Kraków
   POLEN
   Telefon: +48 126583979
   E-Mail: [4]zp@usdk.pl
   Fax: +48 126581081
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.usdk.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33141100, 33141121, 33141120
   Beschreibung
   Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
   Chirurgische Suturen.
   Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 3 286 618,30 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 397 262,64 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 393 236,64 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 188 819,84 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 169 942,16 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 172 774,80 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 167 763,60 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 110 647,20 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 110 647,20 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 164 481,60 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 158 556 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 142 600,80 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 140 580 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 178 292,40 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 179 204,40 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Beryl Med LTD
   London W1F 7PP
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 51 584 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 51 644 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 34 038,48 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 12 927,60 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 140 154,12 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 139 935,72 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 13
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   MADENS Maciej Marcinkowski
   ul. Hetmaska 35/8
   60-251 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 97 630,65 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 96 897,60 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 14
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 020,64 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 018,72 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 15
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 240 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 760 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 17
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 10 545,12 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 10 545,12 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 18
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 76 798,80 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 76 741,20 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 19
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 233 592,80 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 233 562,32 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 17 Los-Nr: 20
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 167 045,68 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 166 797,68 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 21
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 641,60 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 61 422,40 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 22
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 913,12 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 897,12 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 23
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 50 246,72 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 50 238,48 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 24
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 30 338,72 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 30 300,32 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
References
   4. mailto:zp@usdk.pl?subject=TED
   5. http://www.bip.usdk.pl/
OT: 20/01/2016    S13    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Kraków: Opatrunki, zaciski, szwy, podwizki
   2016/S 013-018573
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Krakowie
   ul. Wielicka 265
   Osoba do kontaktów: Maria Ggol
   30-663 Kraków
   POLSKA
   Tel.: +48 126583979
   E-mail: [6]zp@usdk.pl
   Faks: +48 126581081
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.usdk.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawa materiaów szewnych  25 grup.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265.
   Kod NUTS PL213
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   3. Opis przedmiotu zamówienia
   3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiaów szewnych  25 grup
   dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecicego w Krakowie.
   3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Sownika Zamówie CPV: 33.14.11.00 
   opatrunki, zaciski, szwy podwizki, 33.14.11.21  szwy chirurgiczne,
   33.14.11.20  zaciski, szwy, podwizki naczyniowe.
   3.2. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawieraj FORMULARZE CENOWE
    zacznik nr 3/1-3/25
   3.3. Wymagany minimalny termin patnoci wynosi 60 dni.
   3.4. Wymagany okres niezmiennoci cen jednostkowych netto podanych w
   ofercie 12 miesicy.
   3.5. Zmiana podatku VAT nastpuje z mocy prawa.
   3.6. Przez wyroby medyczne, naley rozumie wyroby medyczne w
   rozumieniu ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby
   medyczne musz by dopuszczone do obrotu i uywania na zasadach
   okrelonych w ustawie o wyrobach medycznych.
   3.7. Wykonawca zobowizany jest do wskazania w ofercie czci
   zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom.
   4. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych  25 grup.
   Grupa 1. Szew syntetyczny, wchanialny, pleciony, monofilamentowy,
   okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, okres wchonicia 56-70 dni,
   polimer kwasu glikolowego i mlekowego w proporcjach 9:1.
   Grupa 2. Szew syntetyczny, niewchanialny, monofilamentowy,
   polipropylenowy, wytwarzany z steroizomeru polipropylenu.
   Grupa 3. Szew wchanialny, syntetyczny, plecion, powlekany, okres
   podtrzymywania 10-14 dni, okres cakowitego wchonicia do 42 dni,
   polimer kwasu glikolowego i mlekowego w proporcjach 9:1.
   Grupa 4. Szew syntetyczny, niewchanialny, monofilamentowy,
   poliamidowy.
   Grupa 5. Szew syntetyczny, wchanialny, monofilamentowy, efektywny
   okres podtrzymywania do 90 dni, okres wchaniana 182-238 dni.
   Grupa 6. Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, efektywny
   okres podtrzymywania 21-28 dni, okres wchaniana 90-120 dni, polimer
   glikolidu i kaprolaktonu.
   Grupa 7. Wchanialny jaowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 %
   regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia
   rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami
   klinicznymi in vivo.
   Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % regenerowanej, oksydowanej
   celulozy (pochodzenia rolinnego). Posta wielowarstwowej wókniny,
   wchanialny jaowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 %
   regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gsto tkanej (pochodzenia
   rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami
   klinicznymi in vivo, Strukturalna, nieutkana nierozwarstwialna wóknina
   hemostatyczna ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia
   rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami
   klinicznymi in vivo, Sterylny wosk kostny skadajcy si z mieszaniny
   biaego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu.
   Grupa 8. Klips naczyniowy do klipsownic typu liga clip, V-ksztatne
   posiadajcy zewntrzna i wewntrzn rzeb, Klipsy naczyniowe o
   ksztacie podkowy (przekrój w ksztacie serca) posiadajce zewntrzn i
   wewntrzn rzeb, pakowane w magazynek po 4 szt. z tama
   samoprzylepn, Stapler skórny zaadowany 35 zszywkami stalowymi
   wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm, rozmiar zszywki przed zamkniciem
   szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm.
   Stapler skórny zaadowany 55 zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o
   rednicy 0,5 mm, rozmiar zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm
   wysoko 3,6 mm, Jednorazowy usuwacz do zszywek stalowych staplera
   skórnego.
   Grupa 9. Szew niewchanialny, naturalny, pleciony, impregnowany,
   jedwabny.
   Grupa 10. Podkadki pod wzy, niewchanialne z politetrafluroetylenu.
   Grupa 11. Szew niewchanialny, powlekany i niepowlekany, pleciony i
   monofilamentowy, poliestrowy.
   Grupa 12. Elektrody nasierdziowe.
   Grupa 13. Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchanialny, zbudowany
   z poliwinylofluoroetylenu.
   Grupa 14. Szwy monofilamentowe, niewchanialne, stalowe.
   Grupa 15. Drut chirurgiczny, monofilamentowy, ze stali nierdzewnej,
   niewchanialny, pakowane na prosto 4 szwy w saszetce.
   Grupa 16. Szew wchanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, okres
   podtrzymywania ok. 21 dni, okres wchonicia 56-70 dni.
   Grupa 17. Szew wchanialny, pleciony powlekany, antybakteryjny, okres
   wchonicia 56-70 dni, efektywny czas podtrzymywania 28-35 dni.
   Grupa 18. Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, okres
   podtrzymywania ok 21 dni, okres wchonicia 90-110 dni, wykonany z
   glikolidu, dioksanonu i wglanu trimetylenu.
   Grupa 19. Szew syntetyczny, wchanialny, pleciony, momofilamentowy,
   okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni (80 % w 2 tygodniu), okres
   wchonicia 56-70 dni. Powleczenie mieszanina kopolimeru
   kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.
   Grupa 20. Szew niewchanialny, wykonany z polipropylenu z dodatkiem
   glikolu polietylenowego.
   Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
   (kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu) 
   igy tnce.
   Pozycja 25. Szwy powlekane, niewchanialne, niewchanilane,
   monofilamentowe wytwarzane z polibutesteru (kopolimeru zoonego z
   tereftalenu butylowego oraz glikolu eteru politetra-metylenowego.
   Grupa 21. Szew wchanialny, syntetyczny, plecion, powlekany, okres
   podtrzymywania 10-14 dni, okres cakowitego wchonicia do 40-50 dni,
   poliester skadajcy si z glikolidu i laktydu. Powleczony miesznk
   kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.
   Grupa 22. Szew monofilamentowy, niewchanialny wykonany z
   dugoacuchowych polimerów alifatycznych.
   Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
   (kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu) 
   igy tnce.
   Grupa 23. Szew wchanialny, monofilamentowy, o potrzymaniu tkanki do 90
   dni, (25 % w 6 tygodniu), wchanialny w 160-180 dni wykonany z
   poliglikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i wglanu trójmetylenu).
   Grupa 24. Poz. 3, 5-12  Szew wchanialny, syntetyczny,
   monofilamentowy, okres podtrzymywania ok 21 dni, okres wchonicia
   90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i wglanu trimetylenu.
   Poz. 1-2,4  Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, efektywny
   okres podtrzymywania 10-14 dni (30-20 % w 10 dniu), okres wchaniania
   56 dni.
   Grupa 25. Szew niewchanialny, naturalny, pleciony, impregnowany,
   jedwabny, powlekany silikonem lub mieszanin wosków.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   33141100, 33141121, 33141120
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 3 286 618,30 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 60
   2. Ocena walorów uytkowych. Waga 40
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   EZP-271-2/164/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 221-402455 z dnia 14.11.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Grupa 1. Szew syntetyczny,
   wchanialny, pleciony, monofilamentowy, okres podtrzymywania tkanki
   28-35 dni, okres wchonicia 56-70 dni, polimer kwasu glikolowego i
   mlekowego w proporcjach 9:1
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 397 262,64 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 393 236,64 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Grupa 2. Szew syntetyczny,
   niewchanialny, monofilamentowy, polipropylenowy, wytwarzany z
   steroizomeru polipropylenu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 188 819,84 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 169 942,16 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Grupa 3. Szew wchanialny,
   syntetyczny, plecion, powlekany, okres podtrzymywania 10-14 dni, okres
   cakowitego wchonicia do 42 dni, polimer kwasu glikolowego i
   mlekowego w proporcjach 9:1
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 172 774,80 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 167 763,60 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Grupa 4. Szew syntetyczny,
   niewchanialny, monofilamentowy, poliamidowy
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 110 647,20 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 110 647,20 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Grupa 5. Szew syntetyczny,
   wchanialny, monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania do 90 dni,
   okres wchaniana 182-238 dni
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 164 481,60 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 158 556 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Grupa 6. Szew wchanialny,
   syntetyczny, monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania 21-28 dni,
   okres wchaniana 90-120 dni, polimer glikolidu i kaprolaktonu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 142 600,80 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 140 580 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Grupa 7. Wchanialny jaowy
   hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy
   w formie gazy (pochodzenia rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym,
   potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo, Hemostatyk powierzchniowy
   wykonany z 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia
   rolinnego). Posta wielowarstwowej wókniny, wchanialny jaowy
   hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % regenerowanej, oksydowanej
   celulozy w formie gsto tkanej (pochodzenia rolinnego) o dziaaniu
   bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo,
   Strukturalna, nieutkana nierozwarstwialna wóknina hemostatyczna ze 100
   % regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia rolinnego) o
   dziaaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo,
   Sterylny wosk kostny skadajcy si z mieszaniny biaego wosku
   pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu.
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 178 292,40 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 179 204,40 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Grupa 8. Klips naczyniowy do
   klipsownic typu liga clip, V-ksztatne posiadajcy zewntrzna i
   wewntrzn rzeb, Klipsy naczyniowe o ksztacie podkowy (przekrój w
   ksztacie serca) posiadajce zewntrzn i wewntrzn rzeb, pakowane w
   magazynek po 4 szt. z tama samoprzylepn, Stapler skórny zaadowany 35
   zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm, rozmiar
   zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm Stapler skórny
   zaadowany 55 zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm,
   rozmiar zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm,
   Jednorazowy usuwacz do zszywek stalowych staplera skórnego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Beryl Med LTD
   London W1F 7PP
   ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 51 584 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 51 644 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 9 Cz nr: 10 - Nazwa: Grupa 10. Podkadki pod wzy,
   niewchanialne z politetrafluroetylenu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 34 038,48 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 12 927,60 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 10 Cz nr: 11 - Nazwa: Grupa 11. Szew niewchanialny,
   powlekany i niepowlekany, pleciony i monofilamentowy, poliestrowy
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 140 154,12 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 139 935,72 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 11 Cz nr: 13 - Nazwa: Grupa 13. Szew syntetyczny,
   monofilamentowy, niewchanialny, zbudowany z poliwinylofluoroetylenu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   MADENS Maciej Marcinkowski
   ul. Hetmaska 35/8
   60-251 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 97 630,65 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 96 897,60 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 12 Cz nr: 14 - Nazwa: Grupa 14. Szwy monofilamentowe,
   niewchanialne, stalowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 3 020,64 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 018,72 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 13 Cz nr: 15 - Nazwa: Grupa 15. Drut chirurgiczny,
   monofilamentowy, ze stali nierdzewnej, niewchanialny, pakowane na
   prosto 4 szwy w saszetce
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 6 240 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 5 760 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 14 Cz nr: 17 - Nazwa: Grupa 17. Szew wchanialny,
   pleciony powlekany, antybakteryjny, okres wchonicia 56-70 dni,
   efektywny czas podtrzymywania 28-35 dni
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
   ul. Iecka 24
   02-135 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 10 545,12 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 10 545,12 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 15 Cz nr: 18 - Nazwa: Grupa 18. Szew wchanialny,
   syntetyczny, monofilamentowy, okres podtrzymywania ok. 21 dni, okres
   wchonicia 90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i wglanu
   trimetylenu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 76 798,80 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 76 741,20 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 16 Cz nr: 19 - Nazwa: Grupa 19. Szew syntetyczny,
   wchanialny, pleciony, momofilamentowy, okres podtrzymywania tkanki
   28-35 dni (80 % w 2 tygodniu), okres wchonicia 56-70 dni. Powleczenie
   mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo
   wapniowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 233 592,80 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 233 562,32 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 17 Cz nr: 20 - Nazwa: Grupa 20. Szew niewchanialny,
   wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego. Szwy
   monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru (kopolimer
   tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu)  igy tnce
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 167 045,68 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 166 797,68 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 18 Cz nr: 21 - Nazwa: Grupa 21. Szew wchanialny,
   syntetyczny, plecion, powlekany, okres podtrzymywania 10-14 dni, okres
   cakowitego wchonicia do 40-50 dni, poliester skadajcy si z
   glikolidu i laktydu. Powleczony mieszank kopolimeru glikolidu i
   laktydu oraz stearynianu wapnia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 60 641,60 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 61 422,40 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 19 Cz nr: 22 - Nazwa: Grupa 22. Szew monofilamentowy,
   niewchanialny wykonany z dugoacuchowych polimerów alifatycznych.
   Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
   (kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu) 
   igy tnce.
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 27 913,12 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 27 897,12 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 20 Cz nr: 23 - Nazwa: Szwy monofilamentowe,
   niewchanialne wykonane z polibutesteru (kopolimer tereftalanu butylenu
   i glkolu etylowego politetrametylenu)  igy tnce. Grupa 23. Szew
   wchanialny, monofilamentowy, o potrzymaniu tkanki do 90 dni, (25 % w 6
   tygodniu), wchanialny w 160-180 dni wykonany z poliglikonatu
   (kopolimer kwasu glikolowego i wglanu trójmetylenu)
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 50 246,72 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 50 238,48 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 21 Cz nr: 24 - Nazwa: Grupa 24. Poz.3, 5-12  Szew
   wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, okres podtrzymywania ok 21
   dni, okres wchonicia 90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i
   wglanu trimetylenu. Poz. 1-2,4  Szew wchanialny, syntetyczny,
   monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania 10-14 dni (30-20 % w 10
   dniu), okres wchaniania 56 dni
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   18.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Covidien Polska Sp. z o.o.
   ul. Polna 11
   00-633 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 30 338,72 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 30 300,32 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Bauwesen - FI-Helsinki
Dienstleistungen im Bauwesen
Dokument Nr...: 18673-2016 (ID: 2016012009110656859)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  FI-Helsinki: Dienstleistungen im Bauwesen
   2016/S 13/2016 18673
   Kansaneläkelaitos, PL 450, Hankintapalvelut, FI Helsinki 00101,
   FINNLAND. E-Mail: hankintapalvelut@kela.fi
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
   250-458231)
   Betr.:
   CPV:71500000
   Dienstleistungen im Bauwesen
   Anstatt:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
   Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
   Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
   Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
   muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
   vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
   Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
   puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
   rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
   toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
   Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   1.2.2016 (12:00)
   muss es heißen:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Huom. Hankinnasta on julkaistu 23.12.2015 klo 9:23 hankintailmoitus nro
   2015-029093, jota tällä ilmoituksella korjataan.
   Korjattu tarjouspyyntöasiakirjoja ja ilmoituksen kohtaa IV.3.4
   Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika.
   Korjaus koskee asiantuntijoille asetettuja referenssivaatimuksia.
   Lisäksi tarjousaikaa on jatkettu 8.2.2016 klo 12:00 saakka.
   Korjaukset on merkitty tarjouspyyntöasiakirjoihin punaisella värillä.
   Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
   Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
   Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
   Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
   muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
   vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
   Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
   puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
   rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
   toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
   Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   8.2.2016 (12:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458231-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2016    S13    - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin
   menettely
   Suomi-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät palvelut
   2016/S 013-018673
   Kansaneläkelaitos, PL 450, Hankintapalvelut, FI Helsinki 00101, SUOMI.
   Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kela.fi
   (Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 26.12.2015, [1]2015/S
   250-458231)
   Viite:
   CPV:71500000
   Rakentamiseen liittyvät palvelut
   Oikaistava tieto:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
   Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
   Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
   Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
   muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
   vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
   Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
   puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
   rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
   toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
   Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   1.2.2016 (12:00)
   Oikaisu:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Huom. Hankinnasta on julkaistu 23.12.2015 klo 9:23 hankintailmoitus nro
   2015-029093, jota tällä ilmoituksella korjataan.
   Korjattu tarjouspyyntöasiakirjoja ja ilmoituksen kohtaa IV.3.4
   Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika.
   Korjaus koskee asiantuntijoille asetettuja referenssivaatimuksia.
   Lisäksi tarjousaikaa on jatkettu 8.2.2016 klo 12:00 saakka.
   Korjaukset on merkitty tarjouspyyntöasiakirjoihin punaisella värillä.
   Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
   Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
   Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
   Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
   muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
   vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
   Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
   puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
   rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
   toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
   Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   8.2.2016 (12:00)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Wejherowo
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 1873-2016 (ID: 2016010509090339203)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  PL-Wejherowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
   2016/S 2/2016 1873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo Wejherowo
   ul. Sobieskiego 247 B
   Zu Händen von: Karol Miloch, Kazimierz Korzeniewski
   84-200 Wejherowo
   POLEN
   Telefon: +48 586729801
   E-Mail: [4]wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
   Fax: +48 586729800
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77200000
   Beschreibung
   Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 8 976 556,90 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm, które tworz: Zakad Usug Lenych Chynowo Wiesaw
   Lubiewski z siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37  Lider
   Konsorcjum oraz Zakad Usug Lenych Chynowo Elbieta Lubiewska z
   siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 i Karpina Kazimierz
   Pobocki z siedzib w Rozazinie nr 96A, 84-219 Rozazino
   ul. Rogali 37
   84-200 Wejherowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 351 949,28 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 257 030,20 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm, które tworz: Usugi Lene Mirosaw Maaszycki z
   siedzib w Kbowie oraz Usugi Lene Krystian Maaszycki z siedzib w
   Kbowie
   ul. Wiejska 28, Kbowo
   84-242 Luzino
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 079 516,16 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 719 526,70 PLN
   ohne MwSt
References
   4. mailto:wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl?subject=TED
   5. http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl/
OT: 05/01/2016    S2    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Wejherowo: Usugi lenictwa
   2016/S 002-001873
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo Wejherowo
   ul. Sobieskiego 247 B
   Osoba do kontaktów: Karol Miloch, Kazimierz Korzeniewski
   84-200 Wejherowo
   POLSKA
   Tel.: +48 586729801
   E-mail: [6]wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
   Faks: +48 586729800
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej:
   [7]http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
   Nadlenictwo Wejherowo
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: gospodarka lena
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
   Wejherowo w roku 2016.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Teren Nadlenictwa Wejherowo.
   Kod NUTS PL634
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usug z zakresu gospodarki lenej
   na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016 zgodnie z okreleniem w
   art. 6 ust. 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014
   r., poz. 1153 z pó. zm.) polegajce m.in. na: pozyskaniu drewna,
   zrywce drewna, odnowieniach i zalesieniach, poprawkach i
   uzupenieniach, przygotowaniu i pielgnacji gleby, czyszczeniach
   wczesnych, czyszczeniach pónych, melioracjach agrotechnicznych,
   pracach zwizanych z nasiennictwem i szkókarskich, ochronie lasu,
   turystycznym zagospodarowaniem lasu, ochronie przyrody, pracach
   zwizanych z ochron przeciwpoarow, pozyskaniem choinek i stroiszu,
   utrzymaniem i konserwacj dróg, ma retencj,gospodarowaniem
   zwierzyn, utrzymywaniu istniejcych obiektów i wykonywaniu biecych
   zada z edukacji lenej.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia dla czci zamówienia (pakietu)
   nr I  zacznik nr 1a.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia dla czci zamówienia (pakietu)
   nr II  zacznik nr 1b.
   Ogólny opis przedmiotu zamówienia dotyczcy czci zamówienia (pakietu)
   nr I i II  zacznik nr 1c.
   Cz zamówienia (pakiet) nr I  W lenictwach: Starzyno, Domatowo,
   Mechowo, Darlubie, Jastarnia, Lisewo oraz Gospodarstwie Szkókarskim i
   Orodku Hodowli Zwierzyny.
   Cz zamówienia (pakiet) nr II  W lenictwach: Sobieczyce, Pianica,
   Rybno, Kpino, Orle, Nanice, Sawutówko i Orodku Edukacji
   Przyrodniczo-Lenej Muza.
   Wykonawca moe zoy ofert na dowoln ilo czci zamówienia
   (pakietów).
   Czci nie mog by dzielone przez Wykonawców na dalsze, inne czci
   zamówienia ni opisane w SIWZ, oferty nie zawierajce penego zakresu
   przedmiotu zamówienia okrelonego w zadaniu czciowym zostan
   odrzucone.
   Zamawiajcy uzna ofert za zoon poprawnie, jeeli bdzie ona
   obejmowa cay zakres przewidziany dla danej czci zamówienia
   (pakietu), na któr skada Wykonawca ofert a zostay opisane w SIWZ.
   W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu
   Zamawiajcy rozlicza si bdzie w oparciu o faktycznie wykonane i
   odebrane protokolarnie prace oraz ceny jednostkowe zadeklarowane w
   Formularzach Cenowych.
   Lokalizacj prac jest obszar cz zamówienia (pakiet).
   Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo ograniczenia prac do wykonania
   wskazanych w szczegóowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowicym
   zaczniki nr 1a i 1b do SIWZ, co do ich rodzaju i iloci w trakcie
   realizacji umowy w wysokoci nieprzekraczajcej 25 % ceny umownej, z
   uwagi na faktyczn sytuacje przyrodnicz, która moe zaistnie w
   trakcie realizacji przedmiotu umowy, a take warunki pogodowe,
   nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarcz, uzasadniony interes
   gospodarczy Zamawiajcego i inne niemoliwe do przewidzenia sytuacje.
   Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dokonywania korekt zmniejszajcych
   lub zwikszajcych, ustale nowych lokalizacji w obrbie czci
   zamówienia, co nie oznacza wprowadzania nowych prac nie objtych
   zakresem zamówienia podstawowego w ramach wartoci brutto przedmiotu
   zamówienia. Dokonanie korekty, jak i wstrzymanie wykonania czynnoci
   moe nastpi równie w sytuacji, gdy wykonanie prac okazao si
   niemoliwe lub bezzasadne. Zmiana lokalizacji moe dotyczy caoci lub
   czci zakresu czynnoci wskazanego dla lokalizacji pierwotnej.
   W zwizku z ograniczeniem rozmiaru przedmiotu zamówienia, o którym mowa
   w pkt. 3.9 i 3.10 Wykonawcy nie bd przysugiwa adne roszczenia w
   stosunku do Zamawiajcego.
   W przypadku opisu przedmiotu zamówienia w zacznikach do SIWZ nr 1a,
   1b i 1c przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
   Zamawiajcy dopuszcza moliwo zastosowania materiaów i urzdze
   równowanych. Za równowane Zamawiajcy uzna materiay i urzdzenia
   dopuszczone dostosowania w lenictwie takie, które speniaj wymagania
   w stopniu nie gorszym ni okrelone w opisie. Wykonawca przed zoeniem
   oferty ma obowizek sprawdzi zakres i rodzaj prac ze szczegóowym
   opisem przedmiotu zamówienia i uwzgldni powysze w oferowanej cenie.
   Zamawiajcy nie przewiduje wymaga, o których mowa w art. 29 ust. 4
   ustawy Pzp.
   Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielania zaliczek na poczet
   wykonania zamówienia ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
   Przedmiotem niniejszego postpowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
   Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziau w postpowaniu.
   Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
   W postpowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
   zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do audytowania danych zawartych w
   owiadczeniach zoonych w ofercie Wykonawcy oraz sposobu realizacji
   umowy, przez podmiot zewntrzny na koszt Zamawiajcego, ze szczególnym
   uwzgldnieniem przepisów prawa pracy oraz ochrony rodowiska
   (gospodarka odpadami, stosowanie olei biodegradowalnych). Wykonawca
   wyraa zgod na przeprowadzenie audytu w zakresie i terminie okrelonym
   przez Zamawiajcego.
   Wykonawca moe powierzy realizacje czci przedmiotu zamówienia
   podwykonawcom.
   W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykona
   przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na umow o prac,
   Wykonawca gwarantuje, e osoby wykonujce przedmiot zamówienia bd
   zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
   Obowizek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób
   zatrudnionych na podstawie umowy o prac dotyczy równie realizacji
   zamówienia przy pomocy podwykonawców.
   Opcjonalnie Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy
   zakres rzeczowy obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w opisie
   przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest
   zobowizany do zlecenia prac objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy
   nie suy roszczenie o ich zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji
   mog zosta zlecone na warto do 25 % wartoci przedmiotu zamówienia
   okrelonej zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowicego zacznik nr
   12 do SIWZ.
   Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których
   mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokoci do 50 % wartoci
   zamówienia podstawowego, polegajcych na powtórzeniu tego samego
   rodzaju zamówienia. Zamówienia uzupeniajce bd polega na
   powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia opisanego odpowiednio dla
   kadej czci niniejszego postpowania, na terenie objtym odpowiednio
   dla kadej z opisanych czci postpowania. Rodzaje prac, których
   zamawiajcy przewiduje jako uzupeniajce s opisane w opisie
   przedmiotu zamówienia i ofercie wykonawcy dotyczcej niniejszego
   postpowania. Podstaw ustalenia wynagrodzenia dotyczcego zamówie
   uzupeniajcych bd stawki zaproponowane przez wykonawc w jego
   ofercie.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   77200000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 8 976 556,90 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 60
   2. Spenienie standardu RPL. Waga 20
   3. Aspekty spoeczne. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   ZG.270.137.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 218-398258 z dnia 11.11.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usug z zakresu
   gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016 
   Pakiet I
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   31.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm, które tworz: Zakad Usug Lenych Chynowo Wiesaw
   Lubiewski z siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37  Lider
   Konsorcjum oraz Zakad Usug Lenych Chynowo Elbieta Lubiewska z
   siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 i Karpina Kazimierz
   Pobocki z siedzib w Rozazinie nr 96A, 84-219 Rozazino
   ul. Rogali 37
   84-200 Wejherowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 6 351 949,28 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 257 030,20 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Proporcja: 28,78 %
   Krótki opis wartoci/czci zamówienia, które bdzie zlecone
   podwykonawcom: Cz prac z pozyskania drewna, zrywki oraz
   zagospodarowania lasu.
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usug z zakresu
   gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016 
   Pakiet nr II
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   31.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm, które tworz: Usugi Lene Mirosaw Maaszycki z
   siedzib w Kbowie oraz Usugi Lene Krystian Maaszycki z siedzib w
   Kbowie
   ul. Wiejska 28, Kbowo
   84-242 Luzino
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 7 079 516,16 EUR
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 719 526,70 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Warto bez VAT 944 398 PLN
   Krótki opis wartoci/czci zamówienia, które bdzie zlecone
   podwykonawcom: Cz praz z zakresu pozyskania, zrywki drewna, koszenia
   upraw, czyszcze wczesnych, czyszcze pónych, sadzenia wielolatek w
   jamk.
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Przezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie
   publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón. zm.) czynnoci
   Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub
   zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
   podstawie ustawy.
   Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
   Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy Prawo
   zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón.
   zm.),zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
   wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
   odwoania.
   Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
   pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
   elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
   do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
   treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i Zamawiajcy móg
   zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu do jego
   wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed upywem
   terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w
   art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
   poz. 907, z pón. zm.).
   Odwoanie wnosi si w terminach okrelonych w art. 182 ustawy Prawo
   zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón. zm.).
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzad Zamówie Publicznych  Prezes Krajowej Izby Odowawczej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik - SE-Karlshamn
Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik
Bau von Bühnen
Dienstleistungen von Tontechnikern
Dokument Nr...: 18773-2016 (ID: 2016012009121556951)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  SE-Karlshamn: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik
   2016/S 13/2016 18773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Karlshamns kommun
   Rådhuset
   Zu Händen von: Nina Östensson
   SE-374 81 Karlshamn
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]nina.ostensson@karlshamn.se
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71318100, 45237000, 92370000
   Beschreibung
   Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik.
   Bau von Bühnen.
   Dienstleistungen von Tontechnikern.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   24.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:nina.ostensson@karlshamn.se?subject=TED
OT: 20/01/2016    S13    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Karlshamn: Ljustekniska tjänster
   2016/S 013-018773
   Meddelande om upphandling
   Tjänster
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Karlshamns kommun
   Rådhuset
   Att: Nina Östensson
   SE-374 81 Karlshamn
   SVERIGE
   E-post: [6]nina.ostensson@karlshamn.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
   kontaktpunkt(er)
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: nej
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Scen, ljud och ljus till Östersjöfestivalen.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Karlshamn.
   NUTS-kod SE221
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Under en sommarvecka i Juli presenterar skärgårdsstaden Karlshamn
   Östersjöfestivalen. Festivalen har arrangerats varje år sedan 1966. Då
   bjuder staden på folkfest i kolossalformat  Karlshamn Baltic Festival,
   Östersjöfestivalen. Varje år och alltid vecka 29.
   De senaste åren har närmare en kvarts miljon besökare invaderat
   Karlshamns gator och torg under festivaldagarna i Juli. Festivalen
   tillhör en av de största gratisfestivalerna i Sverige.
   Serveringstälten är ett uppskattat inslag i festivalbilden, liksom
   trubadurer, jazzband och sambaorkestrar. För att inte tala om
   karnevalståget. Ett Rio á la Karlshamn.
   I Baltic Song Contest, Östersjöns egen melodifestival, tävlar artister
   från hela Europa.
   Det går att beskriva festivalen på lika många sätt som den har
   besökare. Men har du besökt festivalen i Karlshamn minns du säkert
   dofterna från högblom och stekt sill, musiken på bakgårdarna och
   gågatorna, de lättklädda nätterna, marknadsgycklet, kulturkvarteren och
   hamnen, lätts ...
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   71318100, 45237000, 92370000
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   Option: ja
   Beskriv optionen: Förlängningsoption.
   II.2.3)Information om förlängning
   Detta kontrakt kan förlängas: ja
   Antal eventuella förlängningar: 3
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Lägsta pris
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   27986
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   24.2.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   Detta är en återkommande upphandling: nej
   VI.2)Information om EU-medel
   Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
   EU-medel: nej
   VI.3)Kompletterande information
   Visma Commerce-annons: [7]http://www.opic.com/notice.asp?req=dildjtmg
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - UK-London
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dokument Nr...: 18873-2016 (ID: 2016012009130957064)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  UK-London: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
   2016/S 13/2016 18873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Trustees of the Imperial War Museum
   Lambeth Road
   Zu Händen von: Chris Cast
   SE1 6HZ London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2070913060
   E-Mail: [4]ccast@iwm.org.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.iwm.org.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79800000
   Beschreibung
   Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 12.2.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   19.2.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:ccast@iwm.org.uk?subject=TED
   5. http://www.iwm.org.uk/
OT: 20/01/2016    S13    - - Services - Contract notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-London: Printing and related services
   2016/S 013-018873
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Trustees of the Imperial War Museum
   Lambeth Road
   For the attention of: Chris Cast
   SE1 6HZ London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2070913060
   E-mail: [6]ccast@iwm.org.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.iwm.org.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Other: national museum
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   IWM Guidebook Print Framework Contract.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 15: Publishing and printing services on a fee or
   contract basis
   NUTS code UKI
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Printing and related services. This Contract covers the appointment, on
   a framework contract, of a sole print supplier to print the official
   guidebooks for all 5 public branches of IWM: IWM London; Churchill War
   Rooms; HMS Belfast; IWM Duxford, Cambridge and IWM North, Trafford,
   Manchester.
   The current projected annual sales figures across all 5 branches Is 150
   000 guidebooks. However, these are projected figures, and IWM makes no
   commitment that it will place orders for guidebooks to this total in
   any contract year period.
   The Contract is to run for an initial period of 1 year from 1.6.2016
   until 31.5.2017, with the option to extend for up to an additional 2
   further years.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   79800000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   This Contract covers the printing of approx. 150 000 Museum guidebooks
   for sale across the 5 public sites of the Museum. Volumes are dependent
   upon visitor numbers. Each Guidebook is to be provided as follows:
   Size: 228x190 mm portrait.
   Extent: 64pp+4pp covers.
   Materials: Cover section on 350 gsm Essential Velvet FSC, Text sections
   on 150 gsm Essential Velvet FSC. Essential Velvet is our preferred
   paper stock, but if you wish to suggest an alternative FSC certified
   product that is a close match, please include full details of the paper
   specification, and both a plain unprinted dummy made up to the
   guidebook specification, and a printed sample.
   Colours: Sheet fed litho print, 4/4 and sealer throughout.
   Origination: High resolution print-ready PDFs will be supplied or if
   preferred, open In-design files plus all linked images and fonts can be
   supplied.
   Proofing: Full set of digitally printed Epson colour proofs to IWM
   London
   Finishing: PUR BIND. Matt laminate to outer covers, pack.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 400 000 and 600 000 GBP
   II.2.2)Information about options
   Options: yes
   Description of these options: The initial contract is for 12 months,
   but with an option to extend for an additional 24 months.
   Provisional timetable for recourse to these options:
   in months: 24 (from the award of the contract)
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Starting 1.6.2016. Completion 31.5.2017
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   Not applicable.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   Envisaged number of operators: 5
   Objective criteria for choosing the limited number of candidates: All
   selection criteria are contained in the PQQ documentation available
   upon request.
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IWM/Des/1308
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
   documents: 12.2.2016
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   19.2.2016 - 14:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   3.3.2016
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   The contracting authority considers that this contract may be suitable
   for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs).
   However, any selection of tenderers will be based solely on the
   criteria set out for the procurement.
   To view this notice, please click here:
   [8]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=18430
   6660
   GO Reference: GO-2016118-PRO-7595705.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: IWM will
   incorporate a minimum of 10 calendar days standstill period at the
   point information on the award of the contract is communicated to
   tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further
   debriefing from IWM before the contract is entered into.
   Applicants have 2 working days from notification of the award decision
   to request additional debriefing and that information has to be
   provided a minimum of 3 working days before expiry of the standstill
   period. Such additional should be requested from the address in section
   I.1).
   If an appeal regarding the award of a contract has not been
   successfully resolved the Public Sector Public Contracts Regulations
   2006 (SI 2006 No. 5) provide for aggrieved parties who have been harmed
   or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the
   High Court (England, Wales and Northern Ireland. Any such action must
   be brought promptly (generally within 3 months).
   Where a contract has not been entered into the court may order the
   settling of the award decision or order IWM to amend any document and
   may award damages. if the contract has been entered into the court may
   only award damages.
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - NL-Moordrecht
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 18973-2016 (ID: 2016012009143457167)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  NL-Moordrecht: Gebäudereinigung
   2016/S 13/2016 18973
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Cyclus NV
   17681849
   Oostbaan 1090
   Zu Händen von: Ruud van der Helm
   2841ML Moordrecht
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 182547500
   E-Mail: [4]inkoop@cyclusnv.nl
   Fax: +31 182547557
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cyclusnv.nl
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73026
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73026
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90911200
   Beschreibung
   Gebäudereinigung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 20.2.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Niederländisch.
References
   4. mailto:inkoop@cyclusnv.nl?subject=TED
   5. http://www.cyclusnv.nl/
   6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73026
   7. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73026
OT: 20/01/2016    S13    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht -
   Openbare procedure
   Nederland-Moordrecht: Reiniging van gebouwen
   2016/S 013-018973
   Aankondiging van een opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Cyclus NV
   17681849
   Oostbaan 1090
   Ter attentie van: Ruud van der Helm
   2841ML Moordrecht
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 182547500
   E-mail: [6]inkoop@cyclusnv.nl
   Fax: +31 182547557
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.cyclusnv.nl
   Elektronische toegang tot informatie :
   [8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73026
   Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
   [9]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73026
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
   adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
   concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
   verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
   contactpunt(en)
   Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
   Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Milieu
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   Schoonmaak en glasbewassing.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 14: Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en
   het beheer van onroerende goederen
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Moordrecht.
   NUTS-code NL
   II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
   het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft een overheidsopdracht
   II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
   II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   De opdrachtgever wil met 1 partij een overeenkomst afsluiten voor het
   uitvoeren van schoonmaakdiensten in de bedrijfspanden van waaruit
   Cyclus opereert. Het gaat in dit verband om het hoofdkantoor van Cyclus
   in Moordrecht en enkele kleinere locaties in Gouda en in Alphen aan den
   Rijn.
   Deze overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, aanvangende op
   1.4.2016. De overeenkomst kan na 2 jaar 2 keer 1 jaar eenzijdig worden
   verlengd door de aanbestedende dienst.
   II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   90911200
   II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.1.8)Percelen
   Verdeling in percelen: neen
   II.1.9)Inlichtingen over varianten
   Varianten worden geaccepteerd: neen
   II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
   II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
   Hoofdgebouw: vloeroppervlak 3 800 m² (kantoorwerkplekken,
   bedrijfsrestaurant, kleedruimten buitendienst) glasoppervlak 1 679 m².
   6 kleinere locaties met een vloeroppervlak van 10-50 m².
   II.2.2)Inlichtingen over opties
   Opties: ja
   Beschrijving van deze opties: De dienstverlening wordt afgesloten voor
   een periode van 2 jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijk om eenzijdig
   het contract te verlengen met 2 maal 1 jaar.
   Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
   In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
   II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
   Deze opdracht kan worden verlengd: ja
   Aantal mogelijke verlengingen: 2
   In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten,
   geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
   In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
   II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
   Aanvang 1.4.2016. Voltooiing 31.3.2018
   Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
   inlichtingen
   III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
   III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
   III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
   verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
   III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
   waaraan de opdracht wordt gegund:
   III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
   De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
   neen
   III.2)Voorwaarden voor deelneming
   III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
   in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: Eis: Geen crimineel verleden.
   Beschrijving:
   De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die
   kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
   a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2,
   eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad,
   (PbEG 1998, L 351);
   b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van
   26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van
   Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
   c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
   bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C
   316);
   d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr.
   91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van
   het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166)
   zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement
   en de Raad (PbEG L 2001, 344).
   Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder
   geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a,
   178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis,
   420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
   Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden.
   Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden.
   Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel
   van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van
   de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het
   verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar,
   aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
   III.2.2)Economische en financiële draagkracht
   III.2.3)Vakbekwaamheid
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan:
   Eis: NEN-EN-ISO 9001.
   Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit.
   Bewijsstuk: Technische uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen.
   Toelichting op bewijsstuk: Afschrift van ISO certificering.
   Eis: OSB lidmaatschap.
   Toelichting op bewijsstuk: Bewijs van lidmaatschap van de
   branchevereniging Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en
   Bedrijfsdiensten.
   Eis: Referentie.
   Wetsverwijzing: Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar.
   Bewijsstuk: Referenties.
   Eventuele minimumeisen:
   Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit.
   Bewijsstuk: Technische uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen.
   Beschrijving: De inschrijver dient minimaal 1 referentie te overleggen
   om aan te tonen over de vereiste competenties te beschikken.
   Voorwaarden waar de referentie aan dient te voldoen:
   a. duur van de opdracht dient minimaal 12 maanden te bedragen;
   b. de einddatum van de opdracht dient te liggen na 31.12.2013;
   c. de omvang van de opdracht dient minimaal 3 500 m² te bedragen
   (vloeroppervlak).
   Wetsverwijzing: Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar.
   Bewijsstuk: Referenties.
   III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
   III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
   III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
   Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep
   voorbehouden: neen
   III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
   personeel
   Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het
   personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt
   belast: neen
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
   schrijven of deel te nemen
   IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
   of de dialoog
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande
   criteria
   1. Criterium: EMVI. Beschrijving: 40 % prijs, 60 % kwaliteit.
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
   SCHOONMAAK2016
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Vooraankondiging
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [10]2016/S 010-013482 van
   15.1.2016
   IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
   stukken of het beschrijvende document
   Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang
   tot documenten: 20.2.2016 - 12:00
   Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
   IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
   deelnemingsaanvragen
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
   deelneming aan geselecteerde gegadigden
   IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
   verzoeken tot deelneming
   Nederlands.
   IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
   gestand moet doen
   dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
   IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
   Datum: 26.2.2016 - 13:00
   Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
   Periodieke opdracht: neen
   VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.3)Nadere inlichtingen
   VI.4)Beroepsprocedures
   VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.4.2)Instellen van beroep
   VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Personensonderbeförderung (Straße) - PT-Marinha Grande
Personensonderbeförderung (Straße)
Dokument Nr...: 19073-2016 (ID: 2016012009155857270)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  PT-Marinha Grande: Personensonderbeförderung (Straße)
   2016/S 13/2016 19073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   TUMG  Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, SA
   Rua Pereira Crespo
   Kontaktstelle(n): TUMG  Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
   Unip., SA
   Zu Händen von: Fátima Cardoso
   2430-243 Marinha Grande Marinha Grande
   PORTUGAL
   E-Mail: [4]geral@tumg.pt
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60130000
   Beschreibung
   Personensonderbeförderung (Straße).
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 238 169,16 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 04/TUMG/2015
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Rodoviária do Tejo, SA
   Rua do Nogueiral, Edifício Galinha
   2350-413 Torres Novas
   PORTUGAL
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 238 169,16 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:geral@tumg.pt?subject=TED
OT: 20/01/2016    S13    - - Serviços - Anúncio de adjudicação - Concurso
   público
   Portugal-Marinha Grande: Serviços de transporte rodoviário de
   passageiros com finalidade específica
   2016/S 013-019073
   Anúncio de adjudicação de contrato
   Serviços
   Directiva 2004/18/CE
   Secção I: Autoridade adjudicante
   I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
   TUMG  Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, SA
   Rua Pereira Crespo
   Ponto(s) de contacto: TUMG  Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
   Unip., SA
   À atenção de: Fátima Cardoso
   2430-243 Marinha Grande Marinha Grande
   PORTUGAL
   Correio electrónico: [6]geral@tumg.pt
   I.2)Tipo de autoridade adjudicante
   Outro: Empresa Municipal Unipessoal, SA
   I.3)Actividade principal
   Outra: transporte de passageiros em veículos automóveis pesados de
   passageiros
   I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
   adjudicantes
   A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
   outras autoridades adjudicantes: não
   Secção II: Objecto do contrato
   II.1)Descrição
   II.1.1)Título atribuído ao contrato
   04/TUMG/2015 Transporte urbano de passageiros em veículos automóveis
   pesados de passageiros, com cobrança e emissão de bilhetes.
   II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
   prestação dos serviços
   Serviços
   Categoria de serviços n.º 2: Serviços de transporte terrestre (2),
   incluindo serviços de veículos blindados e serviços de entregas, com
   excepção do transporte do correio
   Código NUTS
   II.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição
   Dinâmico (SAD)
   II.1.4)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
   Transporte urbano de passageiros em veículos automóveis pesados de
   passageiros, com cobrança e emissão de bilhetes.
   II.1.5)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
   60130000
   II.1.6)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
   II.2)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
   II.2.1)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
   Valor: 238 169,16 EUR
   Sem IVA
   Secção IV: Procedimento
   IV.1)Tipo de procedimento
   IV.1.1)Tipo de procedimento
   Concurso público
   IV.2)Critérios de adjudicação
   IV.2.1)Critérios de adjudicação
   Preço mais baixo
   IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
   Foi efectuado um leilão electrónico: não
   IV.3)Informação administrativa
   IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
   adjudicante
   04/TUMG/2015
   IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
   Anúncio de concurso
   Número do anúncio no JOUE: [7]2015/S 199-361633 de 14.10.2015
   Secção V: Adjudicação do contrato
   Contrato n.º: 04/TUMG/2015
   V.1)Data da decisão de adjudicação do contrato:
   V.2)Informação sobre as propostas
   V.3)Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de
   adjudicação do contrato
   Rodoviária do Tejo, SA
   Rua do Nogueiral, Edifício Galinha
   2350-413 Torres Novas
   PORTUGAL
   V.4)Informação sobre o valor do contrato
   Valor total definitivo do contrato:
   Valor: 238 169,16 EUR
   Sem IVA
   V.5)Informação acerca da subcontratação
   Contrato passível de subcontratação: não
   Secção VI: Informação complementar
   VI.1)Informação sobre os fundos da União Europeia
   Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por
   fundos da União Europeia: não
   VI.2)Informação complementar:
   VI.3)Procedimentos de recurso
   VI.3.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
   VI.3.2)Interposição de recursos
   VI.3.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
   interposição de recursos
   VI.4)Data de envio do presente anúncio:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen - NL-Zwolle
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 19173-2016 (ID: 2016012009165757371)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  NL-Zwolle: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
   2016/S 13/2016 19173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gemeente Ermelo p/a PSI
   56341363
   Wipstrikkerallee 95
   Zu Händen von: Milan Darius
   8023 DW Zwolle
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 383031622
   E-Mail: [4]aanbestedingen@psi-inkoop.nl
   Internet-Adresse(n):
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [5]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=72986
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90510000 - AB24
   Beschreibung
   Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stichting Sympany
   Postbus 40275
   3504 AB Utrecht
   NIEDERLANDE
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:aanbestedingen@psi-inkoop.nl?subject=TED
   5. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=72986
OT: 20/01/2016    S13    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   Nederland-Zwolle: Afvalverzameling en verwerking
   2016/S 013-019173
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Gemeente Ermelo p/a PSI
   56341363
   Wipstrikkerallee 95
   Ter attentie van: Milan Darius
   8023 DW Zwolle
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 383031622
   E-mail: [6]aanbestedingen@psi-inkoop.nl
   Internetadres(sen):
   Elektronische toegang tot informatie :
   [7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=72986
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   EA inzameling en verwerking textiel Regio Noord-Veluwe.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 16: Riolering en vuilnisophaaldiensten;
   afvalverwerking en aanverwante diensten
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Nederland.
   NUTS-code NL
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de inzameling
   en verwerking van textiel afkomstig uit de deelnemende gemeenten van de
   Regio Noord-Veluwe.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   90510000 - AB24
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Criterium: prijs. Beschrijving: inschrijver dient prijzen op te
   geven voor de lediging van textielcontainers en de huis-aan-huis
   inzameling van textiel en een vergoeding voor verwerking en afzet. Zie
   bijlage 7 prijsformulier van het beschrijvend document. Weging 35
   2. Criterium: kwaliteit. Beschrijving: G.2 Regionale aanpak SROI (max.
   40 punten). Opdrachtgever wenst dat inschrijver in een plan van aanpak
   de mogelijkheden binnen deze raamovereenkomst in bijvoorbeeld de
   inzameling, de sortering en/of in de vermarkting (lokale verkooppunten)
   inzichtelijk maakt. De deelnemende gemeenten zijn hierbij op zoek naar
   kansen voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden en jongeren uit de regio.
   Opdrachtgever is met name op zoek naar concrete en meetbare
   toezeggingen en initiatieven. G.3 Uitvoeringsplan (max. 20 punten).
   Inschrijver dient een plan van aanpak in waar uit blijkt hoe de
   opdracht zo optimaal mogelijk zal worden uitgevoerd. Hierbij zullen in
   ieder geval onder andere de volgende zaken aan bod komen:  de wijze
   waarop inschrijver voorstelt om de 900 ton textiel die nu nog jaarlijks
   in het huishoudelijk restafval zit fors te verkleinen;  de wijze
   waarop u omgaat met afbreukrisico's en kansen;  de manier waarop u
   ervoor zorgt dat de containers steeds op tijd worden geleegd, zodat ze
   altijd beschikbaar zijn voor de inwoners. G.4 Duurzaamheid.
   Opdrachtgever wenst dat opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp
   van de inzet van voertuigen die het milieu zo min mogelijk belasten
   (minimaal Euro V conform programma van eisen). Inschrijver geeft het
   laagste niveau van brandstofkeuze aan waarmee hij gegarandeerd de
   transporten (bij opdracht) gaat uitvoeren. Vereisten: zie beschrijvend
   document. Weging 65
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   00667
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [8]2015/S 142-262114 van
   25.7.2015
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   Opdracht nr: 1 Titel: EA inzameling en verwerking textiel Regio
   Noord-Veluwe
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   30.11.2015
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Stichting Sympany
   Postbus 40275
   3504 AB Utrecht
   NEDERLAND
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Betriebsprüfung - LV-Riga
Betriebsprüfung
Dokument Nr...: 19273-2016 (ID: 2016012009182357473)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  LV-Riga: Betriebsprüfung
   2016/S 13/2016 19273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   AS Latvijas valsts mei
   Vaiodes iela 1
   Kontaktstelle(n): AS Latvijas valsts mei
   Zu Händen von: Santa Langua
   Rga, LV-1004
   LETTLAND
   Telefon: +371 67610015
   E-Mail: [4]s.langusa@lvm.lv
   Fax: +371 67805430
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.lvm.lv
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.lvm.lv
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79212000
   Beschreibung
   Betriebsprüfung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 87 500 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SIA Ernst & Young Baltic
   Muitas iela 1
   Rga, LV-1010
   LETTLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 87 500 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 87 500 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:s.langusa@lvm.lv?subject=TED
   5. http://www.lvm.lv/
   6. http://www.lvm.lv/
OT: 20/01/2016    S13    - - Pakalpojumi - Paziojums par lguma slganas
   tiesbu pieiranu - Atklta procedra
   Latvija-Rga: Revzijas pakalpojumi
   2016/S 013-019273
   Paziojums par lguma slganas tiesbu pieiranu
   Pakalpojumi
   Direktva 2004/18/EK
   I iedaa: Lgumsldzja iestde
   I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
   AS Latvijas valsts mei
   Vaiodes iela 1
   Kontaktpunkts(-i): AS Latvijas valsts mei
   Kontaktpersona(-as): Santa Langua
   Rga, LV-1004
   LATVIJA
   Tlrunis: +371 67610015
   E-pasts: [6]s.langusa@lvm.lv
   Fakss: +371 67805430
   Interneta adrese(-s):
   Lgumsldzjas iestdes galven adrese: [7]http://www.lvm.lv
   Pircja profila adrese: [8]http://www.lvm.lv
   I.2)Lgumsldzjas iestdes veids
   Cita: akciju sabiedrba
   I.3)Galven darbbas joma
   Cita: mesaimniecba
   I.4)Lguma slganas tiesbu pieirana citu lgumsldzju iestu
   vrd
   Lgumsldzja iestde veic iepirkumu citu lgumsldzju iestu vrd:
   n
   II iedaa: Lguma priekmets
   II.1)Apraksts
   II.1.1)Lgumam pieirtais nosaukums
   Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu AS Latvijas valsts mei
   finanu prskata revzijai.
   II.1.2)Lguma veids un bvdarbu veikanas, piegdes vai pakalpojumu
   snieganas vieta
   Pakalpojumi
   Pakalpojumu kategorija Nr. 9: Grmatvedbas, revzijas un uzskaites
   pakalpojumi
   Galven bvdarbu veikanas vieta, piegdes vai pakalpojumu snieganas
   vieta: Rga.
   NUTS kods LV006
   II.1.3)Informcija par visprgo vienoanos vai dinamisko iepirkumu
   sistmu (DIS)
   II.1.4)ss lguma vai iepirkuma(-u) apraksts
   Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu AS Latvijas valsts mei
   finanu prskata revzijai.
   II.1.5)Kopj publisk iepirkuma vrdnca (CPV)
   79212000
   II.1.6)Informcija par Valsts iepirkuma nolgumu (GPA)
   Lgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolgums (GPA): j
   II.2)Lguma(-u) kopj galg vrtba
   II.2.1)Lguma(-u) kopj galg vrtba
   Vrtba: 87 500 EUR
   Bez PVN
   IV iedaa: Procedra
   IV.1)Procedras veids
   IV.1.1)Procedras veids
   Atklta
   IV.2)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
   IV.2.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
   Saimnieciski visizdevgkais piedvjums saska ar
   IV.2.2)Informcija par elektronisko izsoli
   Ir piemrota elektronisk izsole: n
   IV.3)Administratv informcija
   IV.3.1)Identifikcijas numurs, ko pierusi lgumsldzja iestde
   LVM 2015/295_ak
   IV.3.2)Iepriekja(-as) publikcija(-as) par o pau lgumu
   Paziojums par lgumu
   Paziojuma numurs ES OV: [9]2015/S 124-227547 1.7.2015
   Citas iepriekjas publikcijas
   Paziojuma numurs ES OV: [10]2015/S 191-346096 2.10.2015
   V iedaa: Lguma slganas tiesbu pieirana
   Lgums Nr.: 1 Nosaukums: Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu
   AS Latvijas valsts mei finanu prskata revzijai
   V.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas lmuma datums:
   11.1.2016
   V.2)Informcija par piedvjumiem
   Saemto piedvjumu skaits: 3
   V.3)T uzmja nosaukums un adrese, kuram nolemts pieirt lguma
   slganas tiesbas
   SIA Ernst & Young Baltic
   Muitas iela 1
   Rga, LV-1010
   LATVIJA
   V.4)Informcija par lguma vrtbu
   Lguma skotnji paredzt kopj vrtba:
   Vrtba: 87 500 EUR
   Bez PVN
   Lguma kopj galg vrtba:
   Vrtba: 87 500 EUR
   Bez PVN
   V.5)Informcija par apaklgumiem
   Ir paredzti apaklgumi: n
   VI iedaa: Papildinformcija
   VI.1)Informcija par Eiropas Savienbas fondiem
   Lgums ir saistts ar projektu un/vai programmu, ko finans no Eiropas
   Savienbas fondiem: n
   VI.2)Papildu informcija:
   Pretendents SIA KPMG Baltics piedvjuma vrtanas gait tika
   noraidts, pamatojoties uz to, ka finanu piedvjum nebija nordta
   faktisk piedvt lgumcena par revzijas pakalpojumiem 2015.-2019.
   gadam atbilstoi starptautiskajiem revzijas standartiem prskatam, kas
   sagatavots saska ar starptautiskajiem finanu prskata standartiem.
   Atkrtots paziojums par iepirkuma procedras rezulttiem tiek
   publicts, emot vr Iepirkuma uzraudzbas biroja 2016. gada 04.
   janvra lmumu Nr.4-1.2/15-383.
   VI.3)Prsdzbas procedras
   VI.3.1)Struktra, kas atbildga par prsdzbas procedrm
   Iepirkumu uzraudzbas birojs
   Eksporta iela 6
   RgaLV-
   LATVIJA
   E-pasts: [11]pasts@iub.gov.lv
   Tlrunis: +371 67326719
   Fakss: +371 67326720
   VI.3.2)Prsdzbu iesniegana
   Precza informcija par prsdzbu iesnieganas termiu(-iem): Saska
   ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro dau.
   VI.3.3)Iestde, kur var saemt informciju par prsdzbu iesnieganu
   Iepirkumu uzraudzbas birojs
   Eksporta iela 6
   RgaLV-
   LATVIJA
   E-pasts: [12]pasts@iub.gov.lv
   Tlrunis: +371 67326719
   Fakss: +371 67326720
   VI.4) paziojuma nostanas datums:
   16.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Dosierpumpen - BG-Sofia
Teile für Dosierpumpen
Reparatur und Wartung von Pumpen
Dokument Nr...: 19373-2016 (ID: 2016012009192457569)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  BG-Sofia: Teile für Dosierpumpen
   2016/S 13/2016 19373
     , 130175000,  , ..  IV, .
      1,  2,  , Zu Händen von: 
   ,  1766, BULGARIEN. Telefon: +359 28122560. Fax: +359
   28122589. E-Mail: vkrasteva@sofiyskavoda.bg
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.11.2015, [1]2015/S
   227-414081)
   Betr.:
   CPV:42124222, 50511000
   Teile für Dosierpumpen
   Reparatur und Wartung von Pumpen
   Anstatt:
   IV.3.3)        :
   14.1.2016 (16:00)
   IV.3.4)          :
   14.1.2016 (16:00)
   IV.3.7)     :
   15.1.2016 (10:00)
   muss es heißen:
   IV.3.3)        :
   4.2.2016 (16:00)
   IV.3.4)          :
   4.2.2016 (16:00)
   IV.3.7)     :
   5.2.2016 (10:00)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
      ,    
    . 27, . 9, . 1,     
      .
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414081-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2016    S13    - -  -   - 
   
   -:    
   2016/S 013-019373
     , 130175000,  , ..  IV, .
      1,  2,  ,   : 
   ,  1766, . : +359 28122560. : +359
   28122589.    : vkrasteva@sofiyskavoda.bg
   (      , 24.11.2015,
   [1]2015/S 227-414081)
   :
   CPV:42124222, 50511000
      
         
   :
   IV.3.3)        :
   14.1.2016 (16:00)
   IV.3.4)          :
   14.1.2016 (16:00)
   IV.3.7)     :
   15.1.2016 (10:00)
     :
   IV.3.3)        :
   4.2.2016 (16:00)
   IV.3.4)          :
   4.2.2016 (16:00)
   IV.3.7)     :
   5.2.2016 (10:00)
     
          
   .
     ,     
    .
      ,    
    . 27, . 9, . 1,     
      .
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur- und Wartungsdienste - SI-Krko
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Maschinen
Installation von Maschinen und Geräten
Vorbeugende Wartung
Installation von Motoren
Dokument Nr...: 19473-2016 (ID: 2016012009202157662)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  SI-Krko: Reparatur- und Wartungsdienste
   2016/S 13/2016 19473
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   Zu Händen von: Miljenko Mareti
   SI-8270 Krko
   SLOWENIEN
   Telefon: +386 74802286
   E-Mail: [4]miljenko.marcetic@nek.si
   Fax: +386 74921528
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://nek.si
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50000000, 50530000, 51500000, 50324200, 51140000
   Beschreibung
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Reparatur und Wartung von Maschinen.
   Installation von Maschinen und Geräten.
   Vorbeugende Wartung.
   Installation von Motoren.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   11.2.2016 - 11:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Slowenisch.
References
   4. mailto:miljenko.marcetic@nek.si?subject=TED
   5. http://nek.si/
OT: 20/01/2016    S13    - - Storitve - Obvestilo o javnem naroilu -
   Postopek s pogajanji
   Slovenija-Krko: Storitve popravila in vzdrevanja
   2016/S 013-019473
   Obvestilo o naroilu  gospodarske javne slube
   Storitve
   Direktiva 2004/17/ES
   Oddelek I: Naronik
   I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   V roke: Miljenko Mareti
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   Telefon: +386 74802286
   E-pota: [6]miljenko.marcetic@nek.si
   Telefaks: +386 74921528
   Internetni naslovi:
   Internetni naslov naronika: [7]http://nek.si
   Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih
   tokah
   Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkljuno z dokumentacijo za
   dinamini nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih
   kontaktnih tokah
   Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri
   zgoraj navedenih kontaktnih tokah
   I.2)Glavna podroja dejavnosti
   Elektrina energija
   I.3)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
   Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
   Oddelek II: Predmet naroila
   II.1)Opis
   II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik:
   Elektro remontna dela R16.
   II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
   Storitve
   t. kategorije storitev 1: Storitve vzdrevanja in popravljanja
   Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Nuklearna
   Elektrarna Krko, Vrbina 12, SI-8250 Krko.
   ifra NUTS SI
   II.1.3)Informacije o javnem naroilu, okvirnem sporazumu ali dinaminem
   nabavnem sistemu
   II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
   II.1.5)Kratek opis naroila ali nabave:
   Elektro remontna dela R16.
   II.1.6)Enotni besednjak javnih naroil
   50000000, 50530000, 51500000, 50324200, 51140000
   II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
   II.1.8)Informacije o sklopih
   II.1.9)Informacije o variantah
   II.2)Koliina ali obseg naroila
   II.2.1)Celotna koliina ali obseg:
   II.2.2)Informacije o variantah
   II.2.3)Informacije o podaljanjih
   II.3)Trajanje naroila ali rok za zakljuek
   Oddelek III: Pravne, ekonomske, finanne in tehnine informacije
   III.1)Pogoji, ki se nanaajo na naroilo
   III.1.1)Finanna zavarovanja:
   III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plailna ureditev ter sklic na
   ustrezne dolobe, ki ju urejajo:
   III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih
   subjektov, ki ji bo naroilo oddano:
   III.1.4)Drugi posebni pogoji:
   III.2)Pogoji za udelebo
   III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vkljuno z zahtevami v
   zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
   III.2.2)Poslovna in finanna sposobnost
   III.2.3)Tehnina sposobnost
   III.2.4)Informacije o pridranih naroilih
   III.3)Specifini pogoji za naroila storitev
   III.3.1)Informacije o doloeni stroki
   III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
   Oddelek IV: Postopek
   IV.1)Vrsta postopka
   IV.1.1)Vrsta postopka
   Postopek s pogajanji
   Nekateri kandidati so e izbrani (mono pri nekaterih vrstah postopkov
   s pogajanji): ne
   IV.2)Merila za izbiro ponudbe
   IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
   IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
   Uporabljena bo elektronska draba: ne
   IV.3)Upravne informacije
   IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik:
   IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
   IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
   (razen za DPS)
   IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
   11.2.2016 - 11:00
   IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vloiti ponudbe ali prijave za
   sodelovanje
   slovenina.
   IV.3.6)Minimalni asovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
   veljavnost ponudbe
   IV.3.7)Nain odpiranja ponudb
   Datum: 11.2.2016 - 12:00
   Oddelek VI: Dopolnilne informacije
   VI.1)Informacije o ponovitvah naroila
   VI.2)Informacije o sredstvih EU
   VI.3)Dodatne informacije:
   Razpisno dokumentacijo je mono dobiti na:
   [8]http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/1/12773-9400462969181966
   3261/Celota_-_Elektro_remontna_dela_R16.zip
   Rok za prejem ponudnikovih vpraanj na Portalu javnih naroil:
   2.2.2016, 09:00.
   VI.4)Pritobeni postopki
   VI.4.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   VI.4.2)Vloitev pritob
   VI.4.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   VI.5)Datum poiljanja tega obvestila:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: CH-Genf: - CH-Genf
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
Dokument Nr...: 19573-2016 (ID: 2016012009212957748)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
  CH-Genf:
   2016/S 13/2016 19573
   Vorinformation
   Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   European Organization for Nuclear Research (CERN)  Lead procurer
   Geneva 23
   1211
   SCHWEIZ
   Kontaktstelle(n): Dante Gregorio
   Telefon: +41 227676335
   E-Mail: [5]dante.gregorio@cern.ch
   Fax: +41 227669912
   NUTS-Code: CH013
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [6]http://www.cern.ch/
   Adresse des Beschafferprofils: [7]http://helix-nebula.eu/
   I.1)Name und Adressen
   Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
   PO Box 3640
   Karlsruhe
   76021
   DEUTSCHLAND
   Kontaktstelle(n): Andreas Heiss
   Telefon: +49 721608-25639
   E-Mail: [8]andreas.heiss@kit.edu
   Fax: +49 721608-24972
   NUTS-Code: DE122
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [9]http://www.kit.edu/
   I.1)Name und Adressen
   SURFsara
   PO Box 94613
   Amsterdam
   1090 GP
   NIEDERLANDE
   Kontaktstelle(n): Axel Berg
   Telefon: +31 208001300
   E-Mail: [10]axel.berg@surfsara.nl
   NUTS-Code: NL326
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [11]http://www.surf.nl/
   I.1)Name und Adressen
   Institut de Fisica d'Altes Energies
   Campus UAB. Edifici Cn. Bellaterra, Cerdanyola Del Valles
   Barcelona
   08193
   SPANIEN
   Kontaktstelle(n): Mari Carmen Porto
   Telefon: +34 935814109
   E-Mail: [12]mporto@pic.es
   Fax: +34 935814110
   NUTS-Code: ES51
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [13]http://www.ifae.es/
   I.1)Name und Adressen
   Science and Technology Facilities Council (STFC)
   Polaris House, North Star Avenue
   Swindon
   SN2 1SZ
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Kontaktstelle(n): Denise Small
   Telefon: +44 1235445121
   E-Mail: [14]denise.small@stfc.ac.uk
   NUTS-Code: UKK14
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [15]http://www.stfc.ac.uk
   I.1)Name und Adressen
   Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY)
   Notkestrasse 85
   Hamburg
   22607
   DEUTSCHLAND
   Kontaktstelle(n): Martin Gasthuber
   Telefon: +49 4089982564
   E-Mail: [16]martin.gasthuber@desy.de
   Fax: +49 4089942564
   NUTS-Code: DE600
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [17]http://www.desy.de/
   I.1)Name und Adressen
   Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
   3 rue Michel-Ange
   Paris Cedex 16
   75794
   FRANKREICH
   Kontaktstelle(n): Natacha Moquet
   Telefon: +33 144964318
   E-Mail: [18]nmoquet@admin.in2p3.fr
   Fax: +33 144964914
   NUTS-Code: FR101
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [19]http://www.cnrs.fr/
   I.1)Name und Adressen
   European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
   Meyerhofstrasse 1
   Heidelberg
   69117
   DEUTSCHLAND
   Kontaktstelle(n): Steven Newhouse
   Telefon: +44 1223494651
   E-Mail: [20]snewho@ebi.ac.uk
   Fax: +44 1223494468
   NUTS-Code: DE125
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [21]http://www.embl.de/
   I.1)Name und Adressen
   Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
   Via Enrico Fermi, 40, Frascati
   Rome
   00044
   ITALIEN
   Kontaktstelle(n): Martina Allegro
   Telefon: +39 0512095261
   E-Mail: [22]martina.allegro@bo.infn.it
   Fax: +39 0512095080
   NUTS-Code: ITD55
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [23]http://www.infn.it/
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
   Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder
   beteiligt sind  geltendes nationales Beschaffungsrecht:
   Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by
   Horizon 2020 grants; Directive 2014/24/EU on public procurement;
   General Conditions for Invitations to Tender by CERN.
   Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
   I.3)Kommunikation
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: High Energy Physics Laboratory
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   HNSciCloud Pre-Commercial Procurement.
   Referenznummer der Bekanntmachung: 687614
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   73300000 - JA17
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   This PIN is to announce an open market consultation and early
   announcement of the HNSciCloud Pre-Commercial Procurement (PCP) of a
   joint science cloud platform for the European research community. The
   cloud platform will combine several sub-challenges requiring a
   combination of services at the IaaS level integrated into an
   environment supporting the full life-cycle of science work-flows.
   This PCP will develop a set of requirements for cloud services
   addressing the needs of a group of buyers from across Europe that serve
   multiple data-intensive research communities. The R&D services to be
   developed will need to be integrated with the resources in data centres
   operated by the buyers group and European-scale publicly funded
   e-Infrastructures using open source solutions to build a hybrid
   platform on which a competitive marketplace of European cloud players
   can develop their own services for a wider range of users beyond
   research and science.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 5 383 332.00 EUR
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   R&D services to be developed will be integrated with resources in data
   centres operated by buyers group and European-scale publicly funded
   e-Infrastructures using open source solutions (see II.1.4) above).
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The buyers group need a means to increase analysis capability and
   capacity offered to their users to keep pace with growth in scientific
   data that needs to be analysed. The cloud platform must be available to
   end-users distributed around the world in an on-demand and elastic
   manner with Reliability, Availability and Security (RAS). This will
   include providing cost-effective services exploiting capacity-style CPU
   cycles and online storage connected via high-speed networks that can
   execute a range of scientific workloads from compute intensive
   simulations to data intensive analysis. The core of this innovative
   approach lies in the federation with publicly funded e-Infrastructures
   based on open source solutions, to build a hybrid platform on top of
   which a range of higher-level user specific services can be deployed.
   Emphasis will be given to trusted cloud services supporting
   internationally recognised security standards capable of supporting an
   open ecosystem federating multiple suppliers.
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   The PCP duration is 1.1.2016 to 30.6.2018. R&D services contracts will
   be awarded to a number of R&D providers in parallel to compare
   competing solutions. This will be done in a phased approach with a
   framework agreement covering 3 phases (solution design, prototyping,
   pilot deployments made available to end users from research communities
   supported by buyers group) over a period of approx. 24 months.
   II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
   Auftragsbekanntmachung:
   13/05/2016
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   The open market consultation will be held at CERN on 17.3.2016.
   Interested parties are requested to register for the event no later
   than 29.2.2016 at [24]http://cern.ch/go/7LLP
   Places are allocated on a first-come-first-served basis. The event can
   also be followed online via a webcast for registered participants.
   Background information about the PCP and information (Q&A) provided
   during and as a result of the open market consultation can be retrieved
   from the Helix Nebula website [25]www.helix-nebula.eu/
   This PIN and the open market consultation are not part of any
   pre-qualification or selection process. Responding to this PIN and
   attending the open market consultation is not a prerequisite for
   participation in any subsequent procurement.
   This PCP procurement receives funding under the European Union's
   Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Horizon 2020
   grant agreement No 687614 [26]www.helix-nebula.eu/
   The EU is however not participating as a contracting authority in this
   procurement.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14/01/2016
References
   5. mailto:dante.gregorio@cern.ch?subject=TED
   6. http://www.cern.ch/
   7. http://helix-nebula.eu/
   8. mailto:andreas.heiss@kit.edu?subject=TED
   9. http://www.kit.edu/
  10. mailto:axel.berg@surfsara.nl?subject=TED
  11. http://www.surf.nl/
  12. mailto:mporto@pic.es?subject=TED
  13. http://www.ifae.es/
  14. mailto:denise.small@stfc.ac.uk?subject=TED
  15. http://www.stfc.ac.uk/
  16. mailto:martin.gasthuber@desy.de?subject=TED
  17. http://www.desy.de/
  18. mailto:nmoquet@admin.in2p3.fr?subject=TED
  19. http://www.cnrs.fr/
  20. mailto:snewho@ebi.ac.uk?subject=TED
  21. http://www.embl.de/
  22. mailto:martina.allegro@bo.infn.it?subject=TED
  23. http://www.infn.it/
  24. http://cern.ch/go/7LLP
  25. http://www.helix-nebula.eu/
  26. http://www.helix-nebula.eu/
OT: 20/01/2016    S13    - - Services - Prior Information Notice without
   call for competition - Not applicable
   Switzerland-Geneva: Design and execution of research and development
   2016/S 013-019573
   Prior information notice
   This notice is for prior information only
   Services
   Directive 2014/24/EU
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name and addresses
   European Organization for Nuclear Research (CERN)  Lead procurer
   Geneva 23
   1211
   SWITZERLAND
   Contact person: Dante Gregorio
   Telephone: +41 227676335
   E-mail: [5]dante.gregorio@cern.ch
   Fax: +41 227669912
   NUTS code: CH013
   Internet address(es):
   Main address: [6]http://www.cern.ch/
   Address of the buyer profile: [7]http://helix-nebula.eu/
   I.1)Name and addresses
   Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
   PO Box 3640
   Karlsruhe
   76021
   GERMANY
   Contact person: Andreas Heiss
   Telephone: +49 721608-25639
   E-mail: [8]andreas.heiss@kit.edu
   Fax: +49 721608-24972
   NUTS code: DE122
   Internet address(es):
   Main address: [9]http://www.kit.edu/
   I.1)Name and addresses
   SURFsara
   PO Box 94613
   Amsterdam
   1090 GP
   NETHERLANDS
   Contact person: Axel Berg
   Telephone: +31 208001300
   E-mail: [10]axel.berg@surfsara.nl
   NUTS code: NL326
   Internet address(es):
   Main address: [11]http://www.surf.nl/
   I.1)Name and addresses
   Institut de Fisica d'Altes Energies
   Campus UAB. Edifici Cn. Bellaterra, Cerdanyola Del Valles
   Barcelona
   08193
   SPAIN
   Contact person: Mari Carmen Porto
   Telephone: +34 935814109
   E-mail: [12]mporto@pic.es
   Fax: +34 935814110
   NUTS code: ES51
   Internet address(es):
   Main address: [13]http://www.ifae.es/
   I.1)Name and addresses
   Science and Technology Facilities Council (STFC)
   Polaris House, North Star Avenue
   Swindon
   SN2 1SZ
   UNITED KINGDOM
   Contact person: Denise Small
   Telephone: +44 1235445121
   E-mail: [14]denise.small@stfc.ac.uk
   NUTS code: UKK14
   Internet address(es):
   Main address: [15]http://www.stfc.ac.uk
   I.1)Name and addresses
   Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY)
   Notkestrasse 85
   Hamburg
   22607
   GERMANY
   Contact person: Martin Gasthuber
   Telephone: +49 4089982564
   E-mail: [16]martin.gasthuber@desy.de
   Fax: +49 4089942564
   NUTS code: DE600
   Internet address(es):
   Main address: [17]http://www.desy.de/
   I.1)Name and addresses
   Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
   3 rue Michel-Ange
   Paris Cedex 16
   75794
   FRANCE
   Contact person: Natacha Moquet
   Telephone: +33 144964318
   E-mail: [18]nmoquet@admin.in2p3.fr
   Fax: +33 144964914
   NUTS code: FR101
   Internet address(es):
   Main address: [19]http://www.cnrs.fr/
   I.1)Name and addresses
   European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
   Meyerhofstrasse 1
   Heidelberg
   69117
   GERMANY
   Contact person: Steven Newhouse
   Telephone: +44 1223494651
   E-mail: [20]snewho@ebi.ac.uk
   Fax: +44 1223494468
   NUTS code: DE125
   Internet address(es):
   Main address: [21]http://www.embl.de/
   I.1)Name and addresses
   Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
   Via Enrico Fermi, 40, Frascati
   Rome
   00044
   ITALY
   Contact person: Martina Allegro
   Telephone: +39 0512095261
   E-mail: [22]martina.allegro@bo.infn.it
   Fax: +39 0512095080
   NUTS code: ITD55
   Internet address(es):
   Main address: [23]http://www.infn.it/
   I.2)Joint procurement
   The contract involves joint procurement
   In the case of joint procurement involving different countries, state
   applicable national procurement law:
   Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by
   Horizon 2020 grants; Directive 2014/24/EU on public procurement;
   General Conditions for Invitations to Tender by CERN.
   The contract is awarded by a central purchasing body
   I.3)Communication
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   I.4)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.5)Main activity
   Other activity: High Energy Physics Laboratory
   Section II: Object
   II.1)Scope of the procurement
   II.1.1)Title:
   HNSciCloud Pre-Commercial Procurement.
   Reference number: 687614
   II.1.2)Main CPV code
   73300000 - JA17
   II.1.3)Type of contract
   Services
   II.1.4)Short description:
   This PIN is to announce an open market consultation and early
   announcement of the HNSciCloud Pre-Commercial Procurement (PCP) of a
   joint science cloud platform for the European research community. The
   cloud platform will combine several sub-challenges requiring a
   combination of services at the IaaS level integrated into an
   environment supporting the full life-cycle of science work-flows.
   This PCP will develop a set of requirements for cloud services
   addressing the needs of a group of buyers from across Europe that serve
   multiple data-intensive research communities. The R&D services to be
   developed will need to be integrated with the resources in data centres
   operated by the buyers group and European-scale publicly funded
   e-Infrastructures using open source solutions to build a hybrid
   platform on which a competitive marketplace of European cloud players
   can develop their own services for a wider range of users beyond
   research and science.
   II.1.5)Estimated total value
   Value excluding VAT: 5 383 332.00 EUR
   II.1.6)Information about lots
   This contract is divided into lots: no
   II.2)Description
   II.2.1)Title:
   II.2.2)Additional CPV code(s)
   II.2.3)Place of performance
   NUTS code: 00
   Main site or place of performance:
   R&D services to be developed will be integrated with resources in data
   centres operated by buyers group and European-scale publicly funded
   e-Infrastructures using open source solutions (see II.1.4) above).
   II.2.4)Description of the procurement:
   The buyers group need a means to increase analysis capability and
   capacity offered to their users to keep pace with growth in scientific
   data that needs to be analysed. The cloud platform must be available to
   end-users distributed around the world in an on-demand and elastic
   manner with Reliability, Availability and Security (RAS). This will
   include providing cost-effective services exploiting capacity-style CPU
   cycles and online storage connected via high-speed networks that can
   execute a range of scientific workloads from compute intensive
   simulations to data intensive analysis. The core of this innovative
   approach lies in the federation with publicly funded e-Infrastructures
   based on open source solutions, to build a hybrid platform on top of
   which a range of higher-level user specific services can be deployed.
   Emphasis will be given to trusted cloud services supporting
   internationally recognised security standards capable of supporting an
   open ecosystem federating multiple suppliers.
   II.2.14)Additional information
   The PCP duration is 1.1.2016 to 30.6.2018. R&D services contracts will
   be awarded to a number of R&D providers in parallel to compare
   competing solutions. This will be done in a phased approach with a
   framework agreement covering 3 phases (solution design, prototyping,
   pilot deployments made available to end users from research communities
   supported by buyers group) over a period of approx. 24 months.
   II.3)Estimated date of publication of contract notice:
   13/05/2016
   Section IV: Procedure
   IV.1)Description
   IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
   Section VI: Complementary information
   VI.3)Additional information:
   The open market consultation will be held at CERN on 17.3.2016.
   Interested parties are requested to register for the event no later
   than 29.2.2016 at [24]http://cern.ch/go/7LLP
   Places are allocated on a first-come-first-served basis. The event can
   also be followed online via a webcast for registered participants.
   Background information about the PCP and information (Q&A) provided
   during and as a result of the open market consultation can be retrieved
   from the Helix Nebula website [25]www.helix-nebula.eu/
   This PIN and the open market consultation are not part of any
   pre-qualification or selection process. Responding to this PIN and
   attending the open market consultation is not a prerequisite for
   participation in any subsequent procurement.
   This PCP procurement receives funding under the European Union's
   Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Horizon 2020
   grant agreement No 687614 [26]www.helix-nebula.eu/
   The EU is however not participating as a contracting authority in this
   procurement.
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   14/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauleistungen im Hochbau - FR-Arpajon
Bauleistungen im Hochbau
Ausbau von Gebäuden
Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
Dokument Nr...: 19673-2016 (ID: 2016012109022757893)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  FR-Arpajon: Bauleistungen im Hochbau
   2016/S 14/2016 19673
   Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
   Centre DAM  Île-de-France  Bruyères-le-Châtel, Zu Händen von: Carine
   Videau, Arpajon Cedex 91297, FRANKREICH. Telefon: +33 169267779. Fax:
   +33 169267009. E-Mail: carine.videau@cea.fr
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 15.12.2015, [1]2015/S
   242-438641)
   Betr.:
   CPV:45210000, 45262800, 45260000
   Bauleistungen im Hochbau
   Ausbau von Gebäuden
   Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
   Anstatt:
   II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
   Durée en mois: 18
   muss es heißen:
   II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
   Durée en mois: 23
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438641-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016    S14    - - Marché de travaux - Informations
   complémentaires - Procédure restreinte
   France-Arpajon: Travaux de construction de bâtiments
   2016/S 014-019673
   Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
   Centre DAM  Île-de-France  Bruyères-le-Châtel, À l'attention de:
   Carine Videau, Arpajon Cedex 91297, FRANCE. Téléphone: +33 169267779.
   Fax: +33 169267009. E-mail: carine.videau@cea.fr
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.12.2015,
   [1]2015/S 242-438641)
   Objet:
   CPV:45210000, 45262800, 45260000
   Travaux de construction de bâtiments
   Travaux d'extension de bâtiments
   Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
   Au lieu de:
   II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
   Durée en mois: 18
   Lire:
   II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
   Durée en mois: 23
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Zubereitung von Mahlzeiten - PL-Racibórz
Zubereitung von Mahlzeiten
Dokument Nr...: 1973-2016 (ID: 2016010509101239309)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  PL-Racibórz: Zubereitung von Mahlzeiten
   2016/S 2/2016 1973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
   ul. Gamowska 3
   Kontaktstelle(n): Dzia Zamówie Publicznych
   Zu Händen von: Tomasz Zajczkowski
   47-400 Racibórz
   POLEN
   Telefon: +48 327555080
   E-Mail: [4]przetargi@szpital-raciborz.org
   Fax: +48 327555049
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://szpital-raciborz.org
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   55321000
   Beschreibung
   Zubereitung von Mahlzeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 098 331,33 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   IMPEL Catering Company Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
   ul. lna 118
   53-111 Wrocaw
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 545 792 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 098 331,33 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 33
References
   4. mailto:przetargi@szpital-raciborz.org?subject=TED
   5. http://szpital-raciborz.org/
OT: 05/01/2016    S2    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Racibórz: Usugi przygotowywania posików
   2016/S 002-001973
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
   ul. Gamowska 3
   Punkt kontaktowy: Dzia Zamówie Publicznych
   Osoba do kontaktów: Tomasz Zajczkowski
   47-400 Racibórz
   POLSKA
   Tel.: +48 327555080
   E-mail: [6]przetargi@szpital-raciborz.org
   Faks: +48 327555049
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://szpital-raciborz.org
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Usuga gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posików
   do óka pacjenta na bazie kuchni wykonawcy.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Szpital Rejonowy w Raciborzu
   ul. Gamowska 3.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usugi cateringowej
   (caodzienne ywienie pacjentów hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym
   w Raciborzu na bazie kuchni wykonawcy, zlokalizowanej poza obiektami
   zamawiajcego i oddalonej maksymalnie 60 km od jego siedziby.
   1. Przedmiotem zamówienia jest:
   a) przygotowywanie i dostawa caodziennego wyywienia w ilociach
   wynikajcych z liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzgldnieniem
   wymogów zamawiajcego i zalece dietetycznych Instytutu ywnoci i
   ywienia w Warszawie,
   b) dowóz posików przez wykonawc do siedziby zamawiajcego,
   c) porcjowanie i dystrybucja posików do óka pacjenta.
   d) odbiór brudnych naczy stoowych, zmywanie i dezynfekcja, które
   odbywa si bd w pomieszczeniach kuchenek oddziaowych,
   e) odbiór brudnych termosów i pojemników typu GN po wydaniu posików i
   ich zmywanie u wykonawcy,
   f) w celu realizacji przedmiotu zamówienia zamawiajcy wynajmie
   kuchenki oddziaowe wraz z wyposaeniem odrbn umow,
   g) prowadzenie kuchni mlecznej na oddziale pediatrycznym i
   przygotowywanie na bieco mieszanek mlecznych,
   h) odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (cznie z oddziaem
   zakanym) zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie wywozu i
   unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych.
   2. Szacunkowa ilo zamawianych osobodni w okresie 33 miesicy wyniesie
   253 400, tj. 7680 miesicznie (256 dziennie pacjentów).Ilo ta jest
   wartoci jedynie szacunkow i moe ulec zmianie w zalenoci od
   zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   3. Wykonawca ma obowizek przej pracowników poprzedniego wykonawcy
   przekazanych ze Szpitala na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy  5 osób
   do dystrybucji posików.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   55321000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 4 098 331,33 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   10/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 212-386177 z dnia 31.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   31.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   IMPEL Catering Company Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
   ul. lna 118
   53-111 Wrocaw
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 3 545 792 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 098 331,33 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 33
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
   wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
   opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc
   wanego kwalifikowanego certyfikatu.
   2. Odwoujcy przesya kopi odwoania zamawiajcemu przed upywem
   terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
   z jego treci przed upywem tego terminu.
   3. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
   o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli
   zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
   zamówie publicznych, albo w terminie 15 dni  jeeli zostay przesane
   w inny sposób.
   4. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec
   postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w
   terminie 10 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii
   Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia na stronie internetowej.
   5. Odwoanie wobec innych czynnoci zamawiajcego wnosi si w terminie
   10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej
   starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych
   podstaw jego wniesienia.
   6. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania ofert
   bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogoszenia
   przez Izb orzeczenia.
   7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoawczej przysuguje skarga do sdu.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Video-Überwachungssystem - FR-Tourcoing
Video-Überwachungssystem
Bildsendegerät
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 19773-2016 (ID: 2016012109034757991)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  FR-Tourcoing: Video-Überwachungssystem
   2016/S 14/2016 19773
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Tourcoing
   52 rue du Calvaire
   Kontaktstelle(n): Du service de commande publique
   59200 Tourcoing
   FRANKREICH
   Telefon: +33 320010290
   E-Mail: [4]marchespublics@ville-tourcoing.fr
   Fax: +33 320010299
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tourcoing.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
   Weitere Auskünfte erteilen: mairie de Tourcoing
   10 place Victor Hassebroucq  BP 479
   Zu Händen von: Service commande publique
   59208 Tourcoing Cédex
   Telefon: +33 320010290
   E-Mail: [7]marchespublics@ville-tourcoing.fr
   Fax: +33 320010299
   Internet-Adresse: [8]http://www.tourcoing.fr
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32323500, 32223000, 32000000
   Beschreibung
   Video-Überwachungssystem.
   Bildsendegerät.
   Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und
   Zubehör.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   18.2.2016 - 16:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:marchespublics@ville-tourcoing.fr?subject=TED
   5. http://www.tourcoing.fr/
   6. http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com/
   7. mailto:marchespublics@ville-tourcoing.fr?subject=TED
   8. http://www.tourcoing.fr/
OT: 21/01/2016    S14    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Tourcoing: Système de surveillance vidéo
   2016/S 014-019773
   Avis de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Tourcoing
   52 rue du Calvaire
   Point(s) de contact: Du service de commande publique
   59200 Tourcoing
   FRANCE
   Téléphone: +33 320010290
   E-mail: [6]marchespublics@ville-tourcoing.fr
   Fax: +33 320010299
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.tourcoing.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: mairie de Tourcoing
   10 place Victor Hassebroucq  BP 479
   À l'attention de: Service commande publique
   59208 Tourcoing Cédex
   Téléphone: +33 320010290
   E-mail: [9]marchespublics@ville-tourcoing.fr
   Fax: +33 320010299
   Adresse internet: [10]http://www.tourcoing.fr
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Fourniture, l'installation de caméras et la maintenance du système de
   vidéosurveillance de la Ville de Tourcoing.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: 50 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing.
   Code NUTS FR301
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Les prestations principales sont:
    la pose de nouvelles caméras dômes mobiles haute définition et caméra
   fixe haute définition,
    l'adaptation au poste de commandement fourniture et mise en uvre des
   équipements liaison en fibre, transmission au CSU par fibre ,radio,
   laser,
    des prestations de de génie civil telles que pose de fourreaux,
   chambres de tirage, regards,
    la fourniture de pièces détachées: (caméras, serveurs, switch, etc.),
    la maintenance du système existant.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   32323500, 32223000, 32000000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Le présent marché est un marché à bons de commande d'un minimum de 80
   000 EUR HT et d'un montant maximum de 1 000 000 EUR HT sur la durée
   totale du marché, soit 2 ans.
   Accord-cadre au sens de la directive CE-2004/18.
   Lors de son exécution, le marché issu de la présente consultation
   donnera lieu à un marché à bons de commandes, conformément à l'article
   77 du code des marchés publics.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Paiement par virement administratif sous 30 jours  financement
   effectué à partir des ressources propres de la Ville de Tourcoing,
   inscrit au budget.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Lettre de candidature (DC1).
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Déclaration du candidat (DC2) comportant la présentation
   d'une liste des principales références effectuées au cours des 3
   dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
   public ou privé ainsi qu'un contact (nom, prénom et téléphone).
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
   descriptif
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   18.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.3)Informations complémentaires
   Les candidats pourront remettre leur offre sous forme électronique, à
   l'adresse suivante: [11]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Lille
   143 avenue Jacquemars Giélée, BP 2039
   59014 Lille Cédex
   E-mail: [12]greffe.ta-lille@juradm.fr
   Téléphone: +33 320631300
   Adresse internet: [13]http://lille.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 320631347
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Lille
   143 avenue Jacquemars Giélée, BP 2039
   59014 Lille Cédex
   E-mail: [14]greffe.ta-lille@juradm.fr
   Téléphone: +33 320631300
   Adresse internet: [15]http://lille.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 320631347
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Überholungs- und Sanierungsarbeiten - FR-Rochefort
Überholungs- und Sanierungsarbeiten
Dokument Nr...: 19873-2016 (ID: 2016012109043458087)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  FR-Rochefort: Überholungs- und Sanierungsarbeiten
   2016/S 14/2016 19873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Office public de l'habitat
   10 rue Pujos, BP 60151
   Zu Händen von: Mme Curvat Caroline
   17306 Rochefort Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 0546822352
   E-Mail: [4]c.curvat@oph-rochefort.fr
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.marches-securises.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45453000
   Beschreibung
   Überholungs- und Sanierungsarbeiten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SARL Reno 17
   rue de Mouillepieds
   17300 Rochefort
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Les Couvertures Lopez
   8 rue de la Pierre Taillée
   17220 Salles-sur-Mer
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   France Menuisiers
   68 rue du Quebec
   17000 La Rochelle
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   France Menuisiers
   68 rue de Quebec
   17000 La Rochelle
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Société Bordelaise d'Étanchéité
   10 rue Pablo Neruda
   33140 Villenave d'Ornon
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:c.curvat@oph-rochefort.fr?subject=TED
   5. http://www.marches-securises.fr/
OT: 21/01/2016    S14    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Rochefort: Travaux de remise en état et de remise à neuf
   2016/S 014-019873
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Office public de l'habitat
   10 rue Pujos, BP 60151
   À l'attention de: Mme Curvat Caroline
   17306 Rochefort Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 0546822352
   E-mail: [6]c.curvat@oph-rochefort.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.marches-securises.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Travaux d'entretien courant et de remise en état des logements.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Travaux d'entretien courant et de remise en état des logements.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45453000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestation. Pondération 50
   2. Valeur technique. Pondération 40
   3. Performances en matière de protection de l'environnement.
   Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 124-226542 du 1.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Maçonnerie
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SARL Reno 17
   rue de Mouillepieds
   17300 Rochefort
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 2 - Intitulé: Couverture
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Les Couvertures Lopez
   8 rue de la Pierre Taillée
   17220 Salles-sur-Mer
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 3 - Intitulé: Menuiserie bois, PVC et aluminium, quincaillerie,
   serrurerie et vitrerie
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   France Menuisiers
   68 rue du Quebec
   17000 La Rochelle
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 4 - Intitulé: Menuiserie fer et métallerie
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   France Menuisiers
   68 rue de Quebec
   17000 La Rochelle
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 8 - Intitulé: Étanchéité
   V.1)Date d'attribution du marché:
   2.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Société Bordelaise d'Étanchéité
   10 rue Pablo Neruda
   33140 Villenave d'Ornon
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-98628, mise en ligne le 26.6.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   Hôtel Gilbert  15 rue de Blossac  BP 541
   86020 Poitiers Cedex
   E-mail: [9]greffe.ta-poitiers@juradm.fr
   Téléphone: +33 0549607919
   Adresse internet: [10]http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 0549606809
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif
   Hôtel Gilbert  15 rue de Blossac  BP 541
   86020 Poitiers Cedex
   E-mail: [11]greffe.ta-poitiers@juradm.fr
   Téléphone: +33 0549607919
   Adresse internet: [12]http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 0549606809
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Elektrizität - HU-Budapest
Elektrizität
Dokument Nr...: 19973-2016 (ID: 2016012109055158178)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  HU-Budapest: Elektrizität
   2016/S 14/2016 19973
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Állami Egészségügyi Ellátó Központ
   AK15794
   Diós árok 3.
   Zu Händen von: dr. Izsák Anita
   1125 Budapest
   UNGARN
   Telefon: +36 13561522
   E-Mail: [4]izsak.anita@aeek.hu
   Fax: +36 13757253
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.aeek.hu
   Weitere Auskünfte erteilen: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Zu Händen von: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   UNGARN
   Telefon: +36 12880707
   E-Mail: [6]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Zu Händen von: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   UNGARN
   Telefon: +36 12880707
   E-Mail: [7]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Zu Händen von: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   UNGARN
   Telefon: +36 12880707
   E-Mail: [8]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09310000
   Beschreibung
   Elektrizität.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 5.2.2016 - 11:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   5.2.2016 - 11:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Ungarisch.
References
   4. mailto:izsak.anita@aeek.hu?subject=TED
   5. http://www.aeek.hu/
   6. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
   7. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
   8. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
OT: 21/01/2016    S14    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt
   eljárás
   Magyarország-Budapest: Villamos energia
   2016/S 014-019973
   Ajánlati/részvételi felhívás
   Árubeszerzés
   2004/18/EK irányelv
   I. szakasz: Ajánlatkér
   I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
   Állami Egészségügyi Ellátó Központ
   AK15794
   Diós árok 3.
   Címzett: dr. Izsák Anita
   1125 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 13561522
   E-mail: [6]izsak.anita@aeek.hu
   Fax: +36 13757253
   Internetcím(ek):
   Az ajánlatkér általános címe: [7]www.aeek.hu
   További információ a következ címen szerezhet be: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Címzett: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 12880707
   E-mail: [8]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   A dokumentáció és a kiegészít iratok (a versenypárbeszédre és a
   dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következ címen
   szerezhetk be: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Címzett: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 12880707
   E-mail: [9]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ címre kell
   benyújtani: Juratio Zrt.
   Városligeti fasor 23. II/6.
   Címzett: dr. Király Róbert
   1071 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 12880707
   E-mail: [10]rkiraly@juratio.hu
   Fax: +36 12880708
   I.2)Az ajánlatkér típusa
   Közjogi intézmény
   I.3)F tevékenység
   Egészségügy
   I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
   Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
   Albert Schweitzer Kórház-rendelintézet
   Balassi Bálint út 16.
   3000 Hatvan
   MAGYARORSZÁG
   Állami Szívkórház
   Gyógy tér 2.
   8230 Balatonfüred
   MAGYARORSZÁG
   Almási Balogh Pál Kórház
   Béke u. 13.
   3600 Ózd
   MAGYARORSZÁG
   Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelintézet
   Váralja út 6.
   2890 Tata,
   MAGYARORSZÁG
   Bács-Kiskun Megyei Kórház
   Nyíri út 38.
   6000 Kecskemét
   MAGYARORSZÁG
   Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelintézet
   Maglódi út 8991.
   1106 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Bányászati Utókezel és Éjjeli Szanatórium
   Fürd u. 4.
   7300 Komló
   MAGYARORSZÁG
   Batthyány Kázmér Szakkórház
   Iskola u.11.
   2870 Kisbér
   MAGYARORSZÁG
   B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
   Szentpéteri kapu 7276.
   3526 Miskolc
   MAGYARORSZÁG
   Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
   Semmelweis u. 1.
   5700 Gyula
   MAGYARORSZÁG
   Bonyhádi Kórház és Rendelintézet
   Bajcsy Zs. u. 25.
   7150 Bonyhád
   MAGYARORSZÁG
   Bugát Pál Kórház
   Dózsa György út 2022.
   3200 Gyöngyös
   MAGYARORSZÁG
   Csolnoky Ferenc Kórház
   Kórház u. 1.
   8200 Veszprém
   MAGYARORSZÁG
   Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
   Sima Ferenc u. 4458.
   6600 Szentes
   MAGYARORSZÁG
   Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezvásárhely-Makó
   Dr. Imre József u.2.
   6800 Hódmezvásárhely
   MAGYARORSZÁG
   Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
   Alkotmány u. 36.
   6772 Deszk
   MAGYARORSZÁG
   Deák Jen Kórház
   Ady E. u. 13.
   8300 Tapolca
   MAGYARORSZÁG
   Dombóvári Szent Lukács Kórház
   Kórház u. 3941.
   7200 Dombóvár
   MAGYARORSZÁG
   Dr. Réthy Pál Kórház-rendelintézet
   Gyulai út 15.
   5600 Békéscsaba
   MAGYARORSZÁG
   Egyesített Szent István és Szent László Kórház-rendelintézet
   Nagyvárad tér 1.
   1097 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház
   Seregélyesi út 3.
   8000 Székesfehérvár
   MAGYARORSZÁG
   Fels-szabolcsi Kórház
   Árpád u. 26.
   4600 Kisvárda
   MAGYARORSZÁG
   Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendel
   Jókai út 59.
   8500 Pápa
   MAGYARORSZÁG
   Gróf Tisza István Kórház
   Orbán Balázs tér 1.
   4100 Berettyóújfalu
   MAGYARORSZÁG
   Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
   Horánszky u. 15.
   1085 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Heim Pál Gyermekkórház
   Ülli út 86.
   1089 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Hévízgyógyfürd és Szent András Reumakórház
   Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
   8380 Hévíz
   MAGYARORSZÁG
   Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelintézet
   Köves u. 1.
   1204 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
   Szelei út 2
   5100 Jászberény
   MAGYARORSZÁG
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-rendelintézet
   Tószegi út 21.
   5000 Szolnok
   MAGYARORSZÁG
   Jávorszky Ödön Kórház
   Argenti Döme tér 13.
   2600 Vác
   MAGYARORSZÁG
   Karolina Kórház-rendelintézet
   Régi Vámház tér 24.
   9200 Mosonmagyaróvár
   MAGYARORSZÁG
   Károlyi Sándor Kórház
   Nyár u. 103.
   1041 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Kátai Gábor Kórház
   Zöldfa u. 48.
   5300 Karcag
   MAGYARORSZÁG
   Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
   Május 1. út 56.
   3700 Kazincbarcika
   MAGYARORSZÁG
   Kemenesaljai Egyesített Kórház
   Nagy Sándor tér 3.
   9500 Celldömölk
   MAGYARORSZÁG
   Kenézy Gyula Kórház és Rendelintézet
   Bartók Béla út 226.
   4031 Debrecen
   MAGYARORSZÁG
   Keszthelyi Kórház
   Ady Endre u. 2.
   8360 Keszthely
   MAGYARORSZÁG
   Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
   Dr. Monszpart László u. 1.
   6400 Kiskunhalas
   MAGYARORSZÁG
   Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet
   Kossuth Lajos u. 72.
   5340 Kunhegyes
   MAGYARORSZÁG
   Lumniczer Sándor Kórház-rendelintézet
   Dr. Lumniczer Sándor u. 10.
   9330 Kapuvár
   MAGYARORSZÁG
   Magyar Imre Kórház
   Korányi Frigyes u. 1.
   8400 Ajka
   MAGYARORSZÁG
   Margit Kórház Pásztó
   Semmelweis u. 1517.
   3060 Pásztó
   MAGYARORSZÁG
   Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelintézet
   Széchenyi út 2729.
   3300 Eger
   MAGYARORSZÁG
   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
   Markusovszky Lajos u. 5.
   9700 Szombathely
   MAGYARORSZÁG
   MÁV Kórház és Rendelintézet, Szolnok
   Verseghy út 68.
   5000 Szolnok
   MAGYARORSZÁG
   Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
   Csabai kapu u. 9011.
   3529 Miskolc
   MAGYARORSZÁG
   Misszió Egészségügyi Központ
   Gyermekliget u. 30.
   2112 Veresegyház
   MAGYARORSZÁG
   Nagyatádi Kórház
   Bajcsy-Zs. u. 1.
   7500 Nagyatád
   MAGYARORSZÁG
   Nagykrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelintézet
   Fáskert u. 1.
   2750 Nagykrös
   MAGYARORSZÁG
   Nyír Gyula Kórház  Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
   Lehel u. 59.
   1135 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Orosházi Kórház
   Könd u. 59.
   5900 Orosháza
   MAGYARORSZÁG
   Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
   Amerikai út 57.
   1145 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
   Pihen út 1.
   1121 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
   Szanatórium u. 19.
   1121 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
   Frankel Leó út 2529.
   1023 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
   Semmelweis tér 1.
   2143 Kistarcsa
   MAGYARORSZÁG
   Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelintézet és Baleseti Központ
   Péterfy Sándor u. 820.
   1076 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
   Vasvári Pál u. 24.
   9024 Gyr
   MAGYARORSZÁG
   Selye János Kórház
   Széchenyi u. 2.
   2921 Komárom
   MAGYARORSZÁG
   Siófoki Kórház-rendelintézet
   Semmelweis u. 1.
   8600 Siófok
   MAGYARORSZÁG
   Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház
   Tallián Gyula u. 2032.
   7400 Kaposvár
   MAGYARORSZÁG
   Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
   Gyri út 15.
   9400 Sopron
   MAGYARORSZÁG
   Szakorvosi Rendelintézet Monor
   Balassa B. u. 1.
   2200 Monor
   MAGYARORSZÁG
   Szakorvosi Rendelintézet Szigetszentmiklós
   Viola u. 1.
   2310 Szigetszentmiklós
   MAGYARORSZÁG
   Szent Borbála Kórház
   Dózsa Gy. út 77.
   2800 Tatabánya
   MAGYARORSZÁG
   Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
   Tétényi út 1216.
   1115 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
   Diós u. 13.
   1125 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
   Gizella telep
   2026 Visegrád
   MAGYARORSZÁG
   Szent László Kórház
   Rákóczi u. 30.
   9600 Sárvár
   MAGYARORSZÁG
   Szent Lázár Megyei Kórház
   Füleki út kórház 5456.
   3100 Salgótarján
   MAGYARORSZÁG
   Szent Margit Kórház
   Bécsi út 132.
   1032 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Szent Pantaleon Kórház-rendelintézet Dunaújváros
   Korányi S. u. 46.
   2400 Dunaújváros
   MAGYARORSZÁG
   Szent Rókus Kórház és Intézményei
   Gyulai Pál u. . 2.
   1085 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Szigetvári Kórház
   Szent István ltp. 7.
   7900 Szigetvár
   MAGYARORSZÁG
   Toldy Ferenc Kórház és Rendelintézet
   Törteli út 13.
   2700 Cegléd
   MAGYARORSZÁG
   Tolna Megyei Balassa János Kórház
   Béri B. Á. u. 57.
   7100 Szekszárd
   MAGYARORSZÁG
   Tüdgyógyintézet Törökbálint
   Munkácsy M. u. 70.
   2045 Törökbálint
   MAGYARORSZÁG
   Uzsoki Utcai Kórház
   Uzsoki u. 2941.
   1145 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
   Petfi Sándor u. 2628.
   2500 Esztergom
   MAGYARORSZÁG
   Veszprém Megyei Tüdgyógyintézet
   49/2. hrsz.
   8582 Farkasgyep
   MAGYARORSZÁG
   Zala Megyei Kórház
   Zrínyi M. út 1.
   8900 Zalaegerszeg
   MAGYARORSZÁG
   Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdkórház Nonprofit Korlátolt
   Felelsség Társaság
   Zsigmondy sétány 1.
   7815 Harkány
   MAGYARORSZÁG
   Bajai Szent Rókus Kórház
   Rókus u.10.
   6500 Baja
   MAGYARORSZÁG
   Csornai Margit Kórház
   Soproni u. 64.
   9300 Csorna
   MAGYARORSZÁG
   Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendel
   Kossuth L. u. 6.
   2510 Dorog
   MAGYARORSZÁG
   Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelintézet
   Rákóczi út 125127.
   2660 Balassagyarmat
   MAGYARORSZÁG
   Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
   Szentkirályi u. 21.
   1088 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
   Haller út 29.
   1096 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Komlói Egészségcentrum
   Majális tér 1.
   7300 Komló
   MAGYARORSZÁG
   Mátrai Gyógyintézet
   7151. hrsz.
   3233 Gyöngyös-Mátraháza
   MAGYARORSZÁG
   Mezkövesd Városi Önkormányzat Rendelintézete
   Mátyás király út 75.
   3400 Mezkövesd
   MAGYARORSZÁG
   Meztúri Kórház és Rendelintézet
   Kossuth u. 911.
   5400 Meztúr
   MAGYARORSZÁG
   Mohácsi Kórház
   Szepessy tér 7.
   7700 Mohács
   MAGYARORSZÁG
   Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
   Alkotmány út 2.
   2840 Oroszlány
   MAGYARORSZÁG
   Országos Onkológiai Intézet
   Ráth György u. 79.
   1122 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
   Mártírok útja 9.
   3980 Sátoraljaújhely
   MAGYARORSZÁG
   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
   Szent István u. 68.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Szakorvosi Rendelintézet Gyömr
   Szent István út 15.
   2230 Gyömr
   MAGYARORSZÁG
   Szakorvosi Rendelintézet Nagykáta
   Dózsa György út 46.
   2760 Nagykáta
   MAGYARORSZÁG
   Zirci Erzsébet Kórház-rendelintézet
   József Attila u. 1719
   8420 Zirc
   MAGYARORSZÁG
   Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
   Zrínyi u. 3.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Észak-dunántúli Regionális Mosoda Kft.
   Vasvári Pál u. 1.
   9024 Gyr
   MAGYARORSZÁG
   Koch Róbert Kórház és Rendelintézet
   Dankó Pista u. 80.
   3780 Edelény
   MAGYARORSZÁG
   Országos Sportegészségügyi Intézet
   Alkotás út 48.
   1123 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Országos Tisztiforvosi Hivatal
   Albert Flórián út 26.
   1097 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Országos Vérellátó Szolgálat
   Karolina út 1921.
   1113 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   Parádfürdi Állami Kórház
   Kossuth u. 221.
   3244 Parád- Parádfürd
   MAGYARORSZÁG
   II. szakasz: A szerzdés tárgya
   II.1)Meghatározás
   II.1.1)Az ajánlatkér által a szerzdéshez rendelt elnevezés:
   Villamos energia értékesítése az ajánlatkérnek minsül felhasználók
   fogyasztási helyei számára.
   II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   A teljesítés helye: A magyar villamos energia rendszer betáplálási
   pontja.
   Megrendel fenntartja a jogot, hogy a szerzdés idtartama alatti
   szervezeti változás okán a (szerzdés melléklete szerinti) telephely
   listát aktualizálja a toleranciasáv figyelembevételével. Errl
   megrendel azonnali hatállyal értesíti eladót. Eladó vállalja, hogy
   amennyiben a szerzdéses idszakban a felhasználási helyek számában
   változás áll be, az új fogyasztói helyeken is biztosít villamos
   energiát az ajánlati áron és feltételekkel a jelen szerzdésben foglalt
   mennyiségig.
   NUTS-kód HU1,HU2,HU3
   II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
   rendszerre (DBR) vonatkozó információk
   A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
   II.1.5)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
   Villamosenergia-adásvételi szerzdés a fogyasztói csatlakozási pontokon
   történ átvétellel a magyar villamosenergia-hálózaton folyamatosan
   rendelkezésre álló villamos energia beszerzésére, szabadpiaci
   feltételek szerint 1.4.2016., 0:00 órától 31.12.2017., 24:00 óráig
   terjed idszakra, teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
   szerzdés keretében, amely nem tartalmazza a rendszerhasználati
   költségek elszámolását.
   II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
   09310000
   II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
   A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
   igen
   II.1.8)Részek
   A beszerzés részekbl áll: nem
   II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
   Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
   II.2)Szerzdés szerinti mennyiség
   II.2.1)Teljes mennyiség:
   Villamos energia igény mennyisége: 241 885 300 KWh + 30 %/12 hónap.
   Szerzdéses idszak szerzdött villamosenergia-mennyiség (KWh) (+30 %).
   1.4.201631.12.2017. 241 885 300 KWh/év (max. 314 450 890 KWh/év).
   Az azonos tárgyban folytatott késbbi közbeszerzési eljárás
   eredménytelensége esetén az ajánlatkérként szerzd felek bármelyike
   jogosult a szállítási szerzdés legfeljebb 3 hónappal történ
   meghosszabbítására. A szerzdés jelen felhívás II.2.3) pontja szerinti
   meghosszabbítása esetén eredeti szerzdött mennyiség nem változik.
   II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
   Vételi jog (opció): nem
   II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
   A szerzdés meghosszabbítható: igen
   A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
   Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
   meghosszabbítható szerzdések esetében a további szerzdések tervezett
   ütemezése:
   hónapban: 3 (a szerzdés megkötésétl számítva)
   II.3)A szerzdés idtartama vagy a befejezés határideje
   Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.3.2017
   III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mszaki információk
   III.1)Az alvállalkozói szerzdéssel kapcsolatos feltételek
   III.1.1)A szerzdést biztosító mellékkötelezettségek:
   Meghiúsulási kötbér: a toleranciasáv alsó határáig le nem szállított
   mennyiség ára, a szerzdéses ár 10%-ának megfelel egységáron.
   Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli azon idszakra, amelyben 
   eladónak felróható okból  vevnek nem áll rendelkezésre a
   szerzdéstervezet 8.1. pontjában rögzített villamosenergia-mennyiség. A
   kötbér mértéke ezen idszakra minden befejezett órára az érintett
   vételezési hely havi nettó átlagos energiadíjának 1%-a.
   Ha eladónak a 6. pontban tett jognyilatkozatai és szavatosság
   vállalásai eleve hamisnak bizonyulnak, vev azonnali hatályú
   felmondással élhet, a meghiúsulási kötbér pedig a toleranciasáv alsó
   határáig le nem szállított mennyiség ára, a szerzdéses ár 40%-ának
   megfelel egységáron.
   Alulszállítási kötbér: követelése akkor merülhet fel ha eladó
   tulajdonosi szerkezetében olyan változás áll be, aminek következtében
   eladó a továbbiakban nem felel meg az átlátható szervezet a
   szerzdéstervezet 7.1. pontban hivatkozott ismérveinek. Ebben az
   esetben vev jogszabályi kötelezettsége, hogy az azonnali hatályú
   felmondás jogával éljen. Ha eladó a változást a szerzdéstervezet 7.1
   pontban foglalt kötelezettségét teljesítve maga jelenti be, az egyéb
   jogkövetkezmények a szerzdéstervezet 14.1 pont és annak második
   francia bekezdése szerint alakulnak (alulszállítási kötbér 10%-os
   egységárral). Ha a változás vev ellenrzése nyomán derül ki, az egyéb
   jogkövetkezmények a szerzdéstervezet 14.1. pont és annak negyedik
   francia bekezdése szerint alakulnak (alulszállítási kötbér 40%-os
   egységáron).
   A kötbérek tekintetében irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
   A kötbérekkel kapcsolatos részletes feltételeket a szerzdéstervezet
   tartalmazza.
   A szerzdés idbeli hatálya alatt valamennyi Intézmény összes
   felhasználási helyére vonatkozóan 241 885 300 kilowattóra +30 %-os
   toleranciasáv. A toleranciasáv azt jelenti, hogy az intézmények
   toleranciasávon belül történ együttes tényleges fogyasztása esetén
   eladó nem érvényesíthet vevvel szemben semmiféle szankciót (pótdíj,
   kötbér, kiegyenlít energia stb.).
   III.1.2)F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
   vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
   Ajánlatkérként szerzd fél elleget nem fizet. Az ajánlattétel, a
   szerzdés és kifizetések pénzneme HUF, és nem köthet semmilyen más
   külföldi fizeteszköz árfolyamához, sem a villamos energia tzsdei
   árakhoz vagy egyéb tényez alakulásához. A ajánlattevként szerzd fél
   a szerzdés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos
   számviteli- és adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja
   ki. A számla fizetési határideje (esedékesség napja) a számla
   kézhezvételétl számított 30 nap. A számlát ajánlattevként szerzd
   fél úgy köteles ajánlatkérként szerzd félhez eljuttatni, hogy a
   ajánlattevként szerzd fél a számlát legkésbb a fizetési határid
   lejárta eltt 24 nappal kézhez vehesse. Ajánlatkérként szerzd fél a
   számlát banki átutalással egyenlíti ki. Ajánlattevként szerzd fél a
   kiállított számláról a számlakiállítás napján elektronikus levél
   mellékleteként elektronikus számlaképet küld, ajánlatkérként szerzd
   féllel elzetesen leegyeztetett címre. Az ellenértéket havonta, utólag,
   a felhasználási hely szerinti vételez intézmény (felhasználó)
   egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Polgári
   Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
   6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítési
   feltételek figyelembevételével a nyertes ajánlattev a számlát a
   tárgyhót követen kiállítva küldi meg ajánlatkérként szerzd félnek.
   A számla kiállítása a tárgyhónapot követ hónap 15 napjáig vagy
   munkaszüneti nap esetén az azt követ els munkanapon történik.
   Ajánlatkér felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és
   kiegyenlítése során az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény
   (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az ajánlattev, mind az alvállalkozó
   esetében alkalmazni kell.
   A számlán az egyes teljesítési helyek elszámolt idszak szerinti
   idszakos fogyasztását és a fogyasztói azonosítót,
   mérésipont-azonosítót fel kell tüntetni teljesítési helyek szerinti
   bontásban, feltüntetve továbbá az elszámolt idszakot, és a fogyasztás
   alapú díjon felül tételesen a, pénzeszközök, energiaadó, elosztói
   teljesítmény, elosztói alap illetve a medd energia díjakat. Az
   ajánlatkérként szerzd fél a szerzdés teljesítésének elismerésérl
   (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésbb a
   ajánlattevként szerzd fél teljesítésétl, vagy az errl szóló
   írásbeli értesítés kézhezvételétl számított 15 napon belül írásban
   köteles nyilatkozni.
   Az ajánlatkérként szerzd fél késedelme esetén az Eladó a Ptk. 6:155.
   § (1) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult.
   A részletes fizetési feltételeket a szerzdéstervezet tartalmazza.
   III.1.3)A közös ajánlatot tev nyertesek által létrehozandó gazdasági
   társaság, illetve jogi személy:
   Ajánlatkér nem teszi lehetvé projekttársaság létrehozását.
   Ajánlatkér idszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is
   elfogadja.
   Ajánlatkér a nyertes ajánlattevtl nem követeli meg gazdálkodó
   szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös
   ajánlattevknek együttmködési megállapodást kell kötniük egymással,
   amelyben szabályozzák a közös ajánlattevk egymás közötti és az
   ajánlatkérvel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a
   következ kötelez elemeket kell tartalmaznia:
    a közös ajánlattevket képvisel cég megnevezése és felhatalmazása a
   közös ajánlattevk vezetésére, az ajánlatkérvel való
   kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
    a közös ajánlattevket képvisel természetes személy megjelölése és
   aláírásmintája,
    a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerzdés
   teljesítésére,
    a közös ajánlattevk egymás közti munkamegosztása,
    pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkér a közös
   ajánlattevk mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám
   megjelölésével,
    a felek egyértelm nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a
   vállalkozási szerzdésben foglalt valamennyi kötelezettség
   teljesítéséig az együttmködési megállapodást e tartalmi elemein és a
   tagok személyén nem változtatnak.
   A szerzd tagok személye a szerzdés teljesítéséig csak akkor
   változhat, ha ehhez ajánlatkér (megrendel) és amennyiben a beszerzés
   támogatásból valósul meg, úgy a támogató szervezet elzetesen írásban
   hozzájárult, és arra a hatályos jogszabályok lehetséget adtak.
   Az együttmködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.
   III.1.4)Egyéb különleges feltételek
   A szerzdés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
   A különleges feltételek meghatározása:  6/2008. (VI. 18.) KHEM
   rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, mködésével és
   használatával összefügg egyes adatszolgáltatásokról,
    52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet a villamos energia elosztó és
   egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhet, valamint
   ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról,
    2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról,
    64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati
   díjak árszabályozásának kereteirl,
    273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007.
   évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
    4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati
   díjakról és alkalmazásuk szabályairól,
    63/2013. (X. 29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá es
   villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történ
   szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának
   módjáról.
   III.2)Részvételi feltételek
   III.2.1)Az ajánlattev/részvételre jelentkez személyes helyzetére
   vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
   cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó elírásokat is
   Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
   igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
   megkövetelt igazolási mód:
    az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó és nem vehet részt
   az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a
   Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének
   a)b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
   Igazolási mód:
    a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)p) pontjában, továbbá (2)
   bekezdésének a)b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását az
   ajánlattevnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
   okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás
   meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
   (továbbiakban: Alkr.) 215. § szerint kell igazolnia,
    az ajánlattev köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzdés
   teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok
   hatálya alá es alvállalkozót.
   Ajánlatkér ezúton hívja fel az ajánlattevk figyelmét, hogy az
   ajánlati felhívás feladása napjánál nem régebbi igazolások és
   nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkér.
   III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
   Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
   igazolási mód: P/1. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján
   ajánlattevnek csatolnia kell saját vagy jogeldje  az ajánlati
   felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti év  számviteli
   jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatást tartalmazó
   részének egyszer másolatát (ha a gazdasági szerepl letelepedése
   szerinti ország joga elírja közzétételét), amennyiben a beszámoló a
   céginformációs szolgálat honlapján megismerhet, a beszámoló adatait az
   ajánlatkér ellenrzi (a céginformációs szolgálat honlapján
   megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges).
   Amennyiben az ajánlattev letelepedése szerinti ország joga nem írja
   el beszámoló közzétételét, ajánlatkér elfogadja az ajánlattev, közös
   ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag cégszeren aláírt
   nyilatkozatát is az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelz 2
   lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó árbevétele (évenként
   megbontva).
   Ha az ajánlattev a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkér
   által elírt teljes idszakban, mert az idszak kezdete után kezdte meg
   mködését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
   árbevételrl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
   A gazdasági szereplkre kizárólag egyenként vonatkoztatható
   alkalmassági követelmény esetében elegend, ha annak a gazdasági
   szereplk közül legalább egy teljes kören megfelel.
   P/2. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevnek
   csatolnia kell cégszer nyilatkozatát, amely tartalmazza az ajánlati
   felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti év  áfa nélkül
   számított  a közbeszerzés tárgyára (villamosenergia-értékesítés)
   vonatkozó rendszerhasználati díj nélkül számított árbevételének
   bemutatását (attól függen, hogy az ajánlattev mikor jött létre,
   illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
   rendelkezésre állnak).
   Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)(8)
   bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 27. §-ában foglaltak.
   A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattev csupán
   arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
   követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
   vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
   Ajánlattev az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
   részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban elírt
   saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
   eljárást megindító felhívásban elírt igazolások benyújtására vonatkozó
   szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására
   köteles benyújtani.
   A minsített ajánlattevknek az Alkr. 19. § (7) szerint kell
   alkalmasságukat igazolniuk.
   Ha az elbírálás során az ajánlatkérnek kétsége merül fel a nyilatkozat
   valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
   megfelelen elírhatja a Alkr. 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás
   benyújtását.
   A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
   követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek.
   Azon követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként
   vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, az együttes megfelelés
   lehetsége értelmében elegend, ha közülük 1 felel meg.
   A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
   követelményeknek az ajánlattevk bármely más szervezet vagy személy
   kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
   kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell
   jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
   felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
   követelményt (követelményeket), amelynek (amelyekne) igazolása
   érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is
   támaszkodik.
   A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az  szervezet, amelynek adatait az
   ajánlattev a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
   felhasználja,  Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
   ajánlatkért az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás
   teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
   A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszer másolati
   formában nyújtandók be.
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas ajánlattev,
   amennyiben az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt
   üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogeldje mérleg szerinti eredménye
   legalább az egyik évben 0 vagy pozitív volt, vagy az Alkr. 19. § (2) és
   (3) bekezdés alapján mködésének ideje alatti nettó közbeszerzés
   tárgyából (villamosenergia-kereskedelmi tevékenység) származó
   árbevétele meghaladta a 700 000 000 HUF-ot, vagy ha az ajánlattev
   letelepedése szerinti ország joga nem írja el beszámoló közzétételét,
   akkor a közbeszerzés tárgyából (villamosenergia-kereskedelmi
   tevékenység) származó árbevétele mindösszesen meghaladta a 700 000 000
   HUF-ot.
   P/2. Alkalmas az ajánlattev, amennyiben az ajánlati felhívás feladását
   közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgya szerinti
   (villamosenergia-értékesítés) rendszerhasználati díj nélkül számított
   nettó árbevételének átlaga meghaladta a 700 000 000 HUF-ot.
   Amennyiben ajánlattev beszámolóval vagy az árbevételrl szóló
   irattal/nyilatkozattal nem, vagy nem az elírt idszakra vonatkozóan
   rendelkezik, a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az Alkr.
   19. § (2)(3) bekezdése szerint kell eljárnia.
   III.2.3)Mszaki, illetve szakmai alkalmasság
   Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
   igazolási mód:
   M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz
   csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
   megelz 3 év legjelentsebb, jelen eljárás tárgyával megegyez
   (villamosenergia-értékesítés) szállításainak ismertetését. Az
   ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés
   idejét (év/hó megjelöléssel), a szerzdést köt másik fél megnevezését,
   elérhetségét, a szállítás tárgyát  megadva az értékesített villamos
   energia mennyiségét kWh-ban , az ellenszolgáltatás összegét, továbbá
   nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a
   szerzdésnek megfelelen történt-e. Amennyiben az alkalmasságot
   igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
   referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
   arányban (százalékban) vett részt.
   Az ismertetést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
   Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)(8)
   bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 27. §-ában foglaltak.
   A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattev csupán
   arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
   követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
   vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
   Ajánlattev az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
   részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban elírt
   saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
   eljárást megindító felhívásban elírt igazolások benyújtására vonatkozó
   szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására
   köteles benyújtani.
   A minsített ajánlattevknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell
   alkalmasságukat igazolniuk.
   A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
   követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek.
   A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
   követelményeknek az ajánlattevk bármely más szervezet vagy személy
   kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
   kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell
   jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
   felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
   követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása
   érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is
   támaszkodik.
   Ajánlattevnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait
   rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben
   vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
   alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások
   rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt.
   A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban elírt referenciákra
   vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattev csak
   akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
   valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
   A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszer másolati
   formában nyújtandók be.
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
   M./1. Alkalmatlan az ajánlattev (közös ajánlattev), ha nem
   rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
   megelz 3 évbl (36 hónapból) legalább 1 db, legalább 12 havi
   idtartamra szóló, a jelen beszerzés tárgyával azonos villamos energia
   értékesítésére vonatkozóan teljesített szerzdéssel, amelynek keretében
   legalább 150 000 000 KWh mennyiség és legalább nettó 200 000 000 HUF
   érték villamos energia értékesítése valósult meg.
   III.2.4)Fenntartott szerzdésekre vonatkozó információk
   III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzdésekre vonatkozó
   különleges feltételek
   III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
   III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremköd személyek
   IV. szakasz: Eljárás
   IV.1)Az eljárás fajtája
   IV.1.1)Az eljárás fajtája
   Nyílt
   IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezk
   létszáma vagy keretszáma
   IV.1.3)Az ajánlattevk létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
   versenypárbeszéd során
   IV.2)Bírálati szempontok
   IV.2.1)Bírálati szempontok
   A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
   IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
   IV.3)Adminisztratív információk
   IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám:
   IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
   Elzetes tájékoztató
   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [11]2015/S 031-052123 13.2.2015
   IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
   beszerzésének feltételei
   A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.2.2016 - 11:00
   A dokumentációért fizetni kell: nem
   IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határid
   5.2.2016 - 11:00
   IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezk
   részére
   IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályamvek),
   illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
   magyar.
   IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális idtartama
   napban: 60 (az ajánlattételi határid lejártától számítva)
   IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
   Dátum: 5.2.2016 - 11:00
   Hely:
   Juratio Zrt., 1071 Budapest,Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz.,
   tárgyaló
   Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
   További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.
   § (1)(4) és (6) bekezdése szerint.
   VI. szakasz: Kiegészít információk
   VI.1)A közbeszerzés ismétld jellegére vonatkozó információk
   A közbeszerzés ismétld jelleg: nem
   VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
   programmal kapcsolatos: nem
   VI.3)További információk
   1. Az írásbeli összegzés megküldésének tervezett idpontja: ajánlati
   kötöttség határidején belül, az ajánlattételi határid lejártát követ
   60 napon történik meg.
   2. A szerzdéskötés tervezett idpontja: a szerzdéskötésre az eljárás
   eredményérl szóló összegezés megküldésének napját követen, a Kbt.
   131. § (6) bekezdése szerinti szerzdéskötési moratórium lejártát
   követen kerül sor.
   Hiánypótlás: ajánlatkér a hiánypótlást a Kbt. 71. § rendelkezéseivel
   összhangban biztosítja. Ajánlatkér nem kíván a Kbt. 71. § (6)
   bekezdésben meghatározott újabb hiánypótlás kizárást lehetvé tev
   lehetséggel élni.
   3. Ajánlatkérk: az I.1) pont szerinti ajánlatkér jelen közbeszerzési
   eljárásban, a köztük fennálló megállapodás alapján más ajánlatkérk
   nevében is eljár, ezen ajánlatkérk az ajánlati felhívás IV. pontjában
   találhatóak. A szállítási szerzdések megkötése külön-külön történik,
   azonban a fogyasztási kötbéralap meghatározása és az elszámolás
   csoportszinten történik.
   4. Ajánlati biztosíték: az ajánlatkér az eljárásban való részvételt
   ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszer mértéke: 10 000
   000 HUF.
   Az ajánlati biztosíték teljesíthet óvadékként az elírt pénzösszegnek
   az ajánlatkérként szerzd fél fizetési számlájára történ
   befizetésével, átutalásával  Magyar Államkincstár
   10032000-01490576-00000000  vagy azzal azonos pénzügyi intézmény 
   vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizet kezesség
   biztosításával, vagy biztosítási szerzdés alapján kiállított 
   készfizet kezességvállalást tartalmazó  az ajánlatkér mint jogosult
   javára szóló kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
   bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtásának
   határidejével. A teljesítést igazoló iratot az ajánlathoz kell
   csatolni. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés
   jogcímét (Ajánlati biztosíték  Villamos energia értékesítése). Az
   átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a bankgarancia-nyilatkozat,
   illetleg a kötelezvény másolati példányát az ajánlatba befzve, a
   bankgarancia nyilatkozat eredeti, vagy a kötelezvény eredeti példányát
   pedig az ajánlathoz befzött lezárt borítékban kell csatolni.
   Bankgarancia nyújtásakor kedvezményezettként az ajánlatkért kell
   megnevezni, a bankgarancia-levélben fel kell tüntetni a beszerzés
   tárgyát, és utalni kell a közbeszerzésekrl szóló 2015. évi CXLIII.
   törvény 54. § (2) bekezdésére. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség
   lejártáig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. §
   (6) bekezdés a)b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a
   Kbt. 54. § (5) és (7) bekezdésére. Ajánlatkér az ajánlati biztosíték
   után kamatot nem fizet.
   5. Dokumentáció: az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció
   átvétele: a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevnek
   vagy alvállalkozónak el kell érnie.
   A dokumentáció történ elérése az eljárásban való részvétel feltétele.
   A dokumentációt ajánlatkér térítésmentesen és teljes terjedelemben
   közvetlenül, elektronikus úton hozzáférhetvé teszi az ajánlati
   felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.
   A dokumentáció  elzetes regisztrációt követen  letölthet a
   [12]http://www.aeek.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/kozerdeku_adatok
   /gazdalkodasi_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesieljarasok
   oldalról és elérhet a KBA rendszeren keresztül. Fontos, hogy
   ajánlattev helyesen adja meg e-mail címét, különben a visszaigazoló
   levelet nem kapja kézhez.
   A dokumentáció letöltésének feltétele, hogy annak letöltésekor a
   dokumentációt kér írásban közölje a következ információkat:
    cégnév,
    cím,
    telefonszám,
    telefaxszám,
    pontos e-mail cím,
    kapcsolattartó neve,
    közvetlen telefon és e-mail elérhetsége, továbbá
    adószáma.
   A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és
   nem publikálható.
   6. Az ajánlatkér azt tekinti az eljárás iránt érdekldését jelz
   gazdasági szereplnek, aki az érdekldését írásban jelzi. Egyidejleg
   meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során
   használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkér a
   Kbt.-ben elírt tájékoztatásokat küldi az érdekldését jelz gazdasági
   szereplnek.
   7. Kiegészít tájékoztatás: nyújtására a Kbt. 56. § (1)(6)
   bekezdésében foglaltak az irányadók.
   Ajánlatkér konzultációt, illetleg helyszíni bejárást nem szervez.
   8. Formai kötöttség: az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti, papíralapú
   és egy digitális másolat), a digitális másolatot elektronikus
   adathordozón (pl. CD vagy DVD) jelszó nélkül olvasható .pdf (vagy egyéb
   nem szerkeszthet) formátumban, a dokumentációban meghatározott formai
   követelményeknek megfelelen kell elkészíteni és benyújtania.
   Ajánlattevnek cégszeren nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat
   elektronikus formában benyújtott példánya a papíralapú, eredeti
   példánnyal megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
   Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1)(4) és (6) bekezdése szerint
   szerint kerül sor.
   Eltérés esetén ajánlatkér a papíralapú példány tartalmát tekinti
   irányadónak.
   9. Igazolások formai feltételei: a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az
   eredeti ajánlati példányban szerepl dokumentumok egyszer másolatban
   is benyújthatók. Az ajánlatkér elírja az olyan nyilatkozat eredeti
   vagy hiteles másolatban történ benyújtását, amely közvetlenül valamely
   követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a kezességvállalási
   nyilatkozat, ajánlati felhívás VI.3.5. pontja szerinti irat, és a Kbt.
   66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
   10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, a Kbt. 68. § (4)
   bekezdése szerinti tartalommal.
   11. Igazolások/Nyilatkozatok:
    az ajánlatban meg kell jelölni azt az alvállalkozót, amelyet a
   teljesítéskor már ajánlattev ismer,
    az ajánlathoz csatolni kell eredeti példányban a Kbt. 66. § (2)
   bekezdésére vonatkozó, valamint az (4) bekezdés szerinti
   nyilatkozatokat,
    az ajánlathoz csatolni kell az abban szerepl bármely nyilatkozatot
   aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a
   bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
   9. § (1) és (2) bekezdése szerinti aláírási mintáját. Folyamatban lév
   változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
   cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
   érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást,
    a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállalók esetében a
   cégjegyzésre jogosult személytl származó, ajánlat aláírására vonatkozó
   írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
   erej magánokiratba foglalva,
    az ajánlathoz csatolni kell, hogy az eljárással kapcsolatban az
   ajánlatkér kiegészít tájékoztatását megkapta, azok elírásait az
   ajánlat összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú
   nyilatkozatot is csatolni kell),
    ajánlathoz csatolni kell, ajánlattev nyilatkozatát arra vonatkozóan,
   hogy az ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat
   mely részében, továbbá a Kbt. 44. § alapján milyen indokok alapján kéri
   ajánlattev az üzleti titokként kezelést),
    ajánlattev általános szerzdéses feltételeit,
    a Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal (MEKH), illetve
   jogeldje által kiadott az ajánlattételi határid idpontjában érvényes
   mködési engedélyét villamosenergia-kereskedelemre vonatkozóan,
    cégszer nyilatkozatot,
    1. vagy arra vonatkozóan, hogy ajánlattev rendelkezik az
   ajánlattétel idpontjában érvényes rendszerirányító engedélyessel
   kötött mérlegkör szerzdéssel, amely szerzdés alapján jogosult
   mérlegkörfelelsként eljárni,
    2. vagy arra vonatkozóan, hogy ajánlattev nem rendelkezik az
   ajánlattétel idpontjában érvényes rendszerirányító engedélyessel
   kötött mérlegkör szerzdéssel, de az ajánlattétel lejártának
   idpontjában rendelkezik más mérlegkörfelelssel megkötött
   megállapodáson keresztül olyan joggal, amely arra vonatkozik, hogy  a
   mérlegkörfelels helyett és nevében eljárva mérlegkör tagsági
   megállapodást köthet,
    a mérlegkör szerzdést, illetve mérlegkörfelelssel való megállapodás
   esetén, a mérlegkörfelels által adott felhatalmazást, vagy mérlegkör
   tagsági megállapodást,
    ajánlattev által ajánlatkérvel kötend mérlegkör-tagsági szerzdés
   tervezetét, amely ingyenesen biztosítja ajánlatkér számára a
   mérlegköri tagságot, azonban a dokumentációban lév
   szerzdéstervezetben foglaltakon túl további adatszolgáltatási,
   nyilvántartási és fizetési, vagy fizetést eredményez egyéb
   kötelezettséget nem tartalmazhat. Az ajánlatkérvel megkötend
   mérlegkör tagsági szerzdés egyik rendelkezése sem lehet ellentétes a
   jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend adásvételi
   szerzdéssel. Az ajánlatkérvel megkötend mérlegkör tagsági
   szerzdésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben az ajánlatkérvel
   megkötend mérlegkör-tagsági szerzdés és a jelen közbeszerzési eljárás
   eredményeként megkötend adásvételi szerzdés egymással ellentétes
   rendelkezés tartalmaz az adásvételi szerzdés az irányadó.
   12. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati
   felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre
   közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid
   lejártáig.
   Az ajánlatok benyújtásának helye: Juratio Zrt., 1071 Budapest,
   Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz. (dr. Király Róbert részére).
   Az ajánlatkér csak a pontosan a megjelölt címen (helyiségben) leadott
   ajánlatokat tekinti határidben beérkezettnek.
   A postán vagy kézbesít futárral küldött ajánlatokat az ajánlatkér
   csak akkor tekinti határidn belül benyújtottnak, ha részérl annak
   kézhezvételére az e pontban feltüntetett épület megjelölt helyiségében
   az ajánlattételi határid lejártáig sor kerül.
   Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más
   helyiségében történ leadásából, elirányításából, elvesztésébl és az
   esetlegesen ennek következtében fellép késedelembl ered kockázat
   teljes mértékben az ajánlattevt terheli.
   13. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
   értékelési szempontja alapján történik.
   14. Minsített ajánlattevk: a minsített ajánlattevk hivatalos
   jegyzékébe történ felvételének feltételét képez minsítési
   szempontokhoz képest szigorúbbak a követelmények: III.2.2. és III.2.3.
   pont.
   15. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevnek a kizáró okokkal
   kapcsolatban a formanyomtatványban nyilatkoznia kell arról, hogy a
   székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának
   igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok,
   szervezetek bocsátják ki.
   Nevezett nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja,
   hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul.
   Ezen szervezetektl kell olyan igazolást benyújtani, amelybl
   megállapítható, hogy az ajánlattev nem tartozik a kizáró okok hatálya
   alá.
   16. Az ajánlatkér csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
   szerzdést, vagy  a nyertes visszalépése esetén  az ajánlatok
   értékelése során a következ legkedvezbb ajánlatot tevnek minsített
   szervezettel (személlyel), ha t az összegezésben megjelölte.
   17. Fordítás: amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
   igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
   azt az ajánlattev magyar nyelv fordításban is köteles becsatolni.
   A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkér a nem magyar nyelven
   benyújtott dokumentumok ajánlattev általi felels fordítását is
   elfogadja.
   A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattev felel.
   18. Pénznem: ajánlatkér az alkalmasság megállapításához szükséges
   pénzügyi adatokat  annak szükségessége esetén  a Magyar Nemzeti
   Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos
   deviza középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra.
   Amennyiben az ajánlatban az energiahordozó elszámolása devizaalapú
   (USD, EUR) és a költségek fizetése HUF-ban történik, úgy az
   energiaköltségek számításakor a felhívás feladásának napján érvényes
   MNB hivatalos deviza-középárfolyamai figyelembevétele szükséges.
   19. A felhívás II.2.3 pontjának kiegészítése: az azonos tárgyban
   folytatott késbbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az
   ajánlatkérként szerzd felek bármelyike jogosult a szállítási
   szerzdés legfeljebb 3 hónappal történ meghosszabbítására. A szerzdés
   jelen felhívás II.2.3) pontja szerinti meghosszabbítása esetén eredeti
   szerzdött mennyiség nem változik.
   20. Irányadó id: a teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban
   valamennyi órában megadott határid közép-európai id magyarországi
   helyi id szerint értend.
   21. Irányadó jog: jelen ajánlati felhívásban, valamint a
   dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrl szóló
   2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
   22. Az egyes ajánlatkérk szerzdései a beszerzés tárgyára vonatkozó
   hatályban lév szerzdéseik lejártától függen lépnek hatályba.
   23. A jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában a teljesítés kezdete
   vonatkozásában megjelölt határid tájékoztató jelleg, amely a villamos
   energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénynek a kereskedváltásra
   vonatkozó rendelkezéseire, valamint a közbeszerzésekrl szóló 2015. évi
   CXLIII. törvény által meghatározott, elre nem kalkulálható eljárási
   cselekményekre tekintettel változhat.
   24. Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
   csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
   az annak beérkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást.
   25. Ajánlatkér felhívja az ajánlattevk figyelmét arra, hogy a
   villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése
   alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az
   engedély meglétét az ajánlatkér a Magyar Energetikai és
   Közm-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenrzi. Ajánlattev az
   ajánlatához csatolja a Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal
   által kiadott, villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzésére
   vonatkozó engedélyét vagy cégszer nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
   szerepel a MEKH internetes honlapján szerepl internetes listán.
   Amennyiben az ajánlattev nem rendelkezik engedéllyel, úgy ezen
   körülmény az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
   26. Az ajánlati ár nettó energia fix díj (energiadíj). Az energiadíjnak
   tartalmaznia kell az alábbi díjakat:
    az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia árát, az Eladó
   mérlegkör tagsági díját, a határkeresztez kapacitás díját, kiegyenlít
   energia díját.
   Ajánlati ár nem tartalmazza 63/2013 (X.29.) NFM rendeletben
   meghatározott átvételi kötelezettség alá es villamos energia költségét
   (KÁT díjat).
   A Keresked az összes elfogyasztott villamos energiához képest a KÁT
   villamos energia mennyiségét minden hónapban a MAVIR Zrt. által
   közzétett arányszám alapján határozza meg.
   Ezen KÁT villamosenergia-mennyiséget a keresked minden hónapban a
   MAVIR Zrt. által közzétett áron tovább számlázza,
   intézmények/fogyasztási helyek felé.
   Az ajánlati ár nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló
   2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-a alapján fizetend MAVIR pénzeszközök
   díját (szénipari szerkezetátalakítási támogatás, iparági nyugdíjasok
   kedvezménye és kapcsolt termelésszerkezet átalakítási díj), a 2003. évi
   LXXXVIII. tv. alapján fizetend energiaadót, az áfat, és a 11/2014.
   (XII. 13.) MEKH rendeletben elírt általános rendszerhasználati
   díjakat.
   A teljesítés idején esetlegesen hatályba lép új jogszabályok, kötelez
   elírások alkalmazandóak a teljesítés során az adásvételi szerzdés
   módosítása nélkül.
   27. Ajánlattevknek az ajánlati árat nettó HUF/1 kWh egységben kell
   megadniuk.
   28. Ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattevket, hogy a 2016. évben
   kedvezményes villamosenergia-felhasználásra jogosult költségvetési
   intézmények kijelölésérl szóló 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
   tekintetében az ÁEEK fenntartása alá tartozó alábbi ajánlatkérként
   szerepl intézmények érintettek:
    Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, 8000 Székesfehérvár
   Seregélyesi út 3. ,
    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,
   Nyíregyháza Szent István út 68.,
    Petz Aladár Megyei Oktatókórház, 9024 Gyr Vasvári Pál u. 24.,
    Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános
   Orvostudományi Kar Oktatókórháza, 6000 Kecskemét Nyíri út 38.,
    Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, 7400 Kaposvár Talián Gyula u.
   2032.,
    Kenézy Gyula Kórház és Rendelintézet, 4031 Debrecen Bartók Béla u.
   226.
   29. Ajánlatkér az eljárást folyamatba épített ellenrzés mellett
   folytatja le.
   30. A beszerzés tárgyának jellege és a szerzdéshez kapcsolódó további
   körülmények nem teszik lehetvé a részekre történ ajánlattételt arra
   tekintettel, hogy az egységes, hatékony, átlátható, kiszámítható
   ellátás céljának elérése nem lenne biztosítható ugyanis a
   részajánlattétel lehetsége magában rejti több nyertes ajánlattev,
   több szerzd fél megjelenését, amely a szerzdésszer teljesítés
   ellenrzésének lehetségeit nagymértékben nehezíti.
   Az egészében nagy mennyiség villamosenergia-mennyiség feltételezi a
   minél kedvezbb ár elérését, azonban ezen összmennyiség szétbontásával
   egy szerzdésre jutó mennyiség már lényegesen kevesebb lenne, amely
   árfelhajtó hatással járna.
   31. Ajánlatkér azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli
   értékelési szempontját, mert a közbeszerzés tárgya szerinti
   szolgáltatás a dokumentáció részét képez mszaki leírásban konkrétan
   meghatározott követelményeknek kell hogy megfeleljen, és a gazdaságilag
   legelnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minségi
   jellemzk nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
   32. A hirdetmény a közbeszerzésekrl szóló 2014/24/EU irányelv alapján
   kerül közzétételre.
   VI.4)Jogorvoslati eljárás
   VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [13]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828592
   Internetcím: [14]www.kozbeszerzes.hu
   Fax: +36 18828593
   VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
   következ szervtl szerezhet be
   Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [15]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828592
   Internetcím: [16]www.kozbeszerzes.hu
   Fax: +36 18828593
   VI.5)E hirdetmény feladásának idpontja:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Krankenhausbetten - BE-Gent
Krankenhausbetten
Dokument Nr...: 20073-2016 (ID: 2016012109065658270)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  BE-Gent: Krankenhausbetten
   2016/S 14/2016 20073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   TMVW servicelijnen
   Stropstraat 1
   Kontaktstelle(n): Divisie Aankoop
   Zu Händen von: Stefanie Van Laere
   9000 Gent
   BELGIEN
   Telefon: +32 92410659
   E-Mail: [4]aankoop@farys.be
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =224178
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33192120
   Beschreibung
   Krankenhausbetten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Wissner-Bosserhoff
   Bedrijvenlaan 1
   2800 Mechelen
   BELGIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 700 000 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:aankoop@farys.be?subject=TED
   5. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224178
OT: 21/01/2016    S14    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   België-Gent: Ziekenhuisbedden
   2016/S 014-020073
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Leveringen
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   TMVW servicelijnen
   Stropstraat 1
   Contactpunt(en): Divisie Aankoop
   Ter attentie van: Stefanie Van Laere
   9000 Gent
   BELGIË
   Telefoon: +32 92410659
   E-mail: [6]aankoop@farys.be
   Internetadres(sen):
   Adres van het kopersprofiel:
   [7]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =224178
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Andere: intercommunale
   I.3)Hoofdactiviteit
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Leveringen
   Aankoop
   NUTS-code BE2
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   33192120
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Prijs. Weging 50
   2. Kwaliteit. Weging 35
   3. Beschikbaarheid, omvang en meerwaarden van het gamma. Weging 15
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   TMVW A-AD-ALL-15-10-56 P1 BIS-F03
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [8]2015/S 147-270222 van
   1.8.2015
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   6.1.2016
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Wissner-Bosserhoff
   Bedrijvenlaan 1
   2800 Mechelen
   BELGIË
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
   Waarde: 700 000 EUR
   Zonder btw
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   1040 Brussel
   BELGIË
   Telefoon: +32 22349611
   Internetadres: [9]http://www.raadvst-consetat.be
   Fax: +32 22349499
   VI.3.2)Instellen van beroep
   Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een
   beroep: 15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende
   noodzakelijkheid of 60 dagen voor het annulatie-beroep, te rekenen
   vanaf de betekening van de beslissing.
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   1040 Brussel
   BELGIË
   Telefoon: +32 22349611
   Internetadres: [10]http://www.raadvst-consetat.be
   Fax: +32 22349499
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Gasöle - ES-Madrid
Gasöle
Dokument Nr...: 20173-2016 (ID: 2016012109074658369)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  ES-Madrid: Gasöle
   2016/S 14/2016 20173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   CIEMAT
   av. Complutense, 40
   Zu Händen von: Mª Carmen García Herranz
   28071 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 913466302
   E-Mail: [4]mcarmen.garcia@ciemat.es
   Fax: +34 913466427
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.ciemat.es
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09134000
   Beschreibung
   Gasöle.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 260 000 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 264.410
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
   p.º de la Castellana, 259 A
   28046 Madrid
   SPANIEN
   Fax: +91 3749276
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 260 000 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 260 000 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:mcarmen.garcia@ciemat.es?subject=TED
   5. http://www.ciemat.es/
OT: 21/01/2016    S14    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Procedimiento abierto
   España-Madrid: Gasóleos
   2016/S 014-020173
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   CIEMAT
   av. Complutense, 40
   A la atención de: Mª Carmen García Herranz
   28071 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 913466302
   Correo electrónico: [6]mcarmen.garcia@ciemat.es
   Fax: +34 913466427
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]www.ciemat.es
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
   delegaciones regionales o locales
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Otros: investigación
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Suministro de gasóleo C (calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el
   año 2016.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Código NUTS
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Suministro de gasóleo C (calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el
   año 2016.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   09134000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 260 000 EUR
   IVA excluido
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   El precio más bajo
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se ha realizado una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   264410
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio de licitación
   Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 187-338250 de 26.9.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: 264.410 Denominación: Suministro de gasóleo C
   (calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el año 2016
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   11.12.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
   p.º de la Castellana, 259 A
   28046 Madrid
   ESPAÑA
   Fax: +91 3749276
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 260 000 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 260 000 EUR
   IVA excluido
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Recurso
   especial de Contratación) o Juzgado Central de lo
   Contencioso-Administrativo (contencioso)
   28071 Madrid
   ESPAÑA
   Dirección Internet: [9]www.ciemat.es
   VI.3.2)Presentación de recursos
   Indíquense los plazos de presentación de recursos: Especial de
   contratación: 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de
   adjudicación.
   Contencioso administrativo: 2 meses desde la notificación de la
   correspondiente resolución.
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   CIEMAT
   28071 Madrid
   ESPAÑA
   Dirección Internet: [10]www.ciemat.es
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros - FR-La Valette-du-Var
Dienstleistungen von Architekturbüros
Dokument Nr...: 20273-2016 (ID: 2016012109084058462)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  FR-La Valette-du-Var: Dienstleistungen von Architekturbüros
   2016/S 14/2016 20273
   Société publique locale méditerranée (SPLM), Place Général de Gaulle 
   immeuble Médival  entrée B-, Zu Händen von: Monsieur le directeur
   général, La Valette-du-Var 83160, FRANKREICH. Telefon: +33 494141003.
   Fax: +33 494141001. E-Mail: service.immobilier@semexval.fr
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 16.1.2016, [1]2016/S
   011-015412)
   Betr.:
   CPV:71200000
   Dienstleistungen von Architekturbüros
   Anstatt:
   II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   (...)
   Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
   191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
   Pablo Picasso sur la Commune de la Valette du Var. Une ancienne
   construction se situe actuellement sur la parcelle AX 250 et devra donc
   être démolie.
   (...)
   muss es heißen:
   II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   (...)
   Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
   191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
   Pablo Picasso sur la Commune de La Valette du Var. Une ancienne
   construction se situe actuellement sur la parcelle AX 192 et devra donc
   être démolie.
   (...)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:015412-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016    S14    - - Services - Informations complémentaires -
   Procédure restreinte
   France-La Valette-du-Var: Services d'architecture
   2016/S 014-020273
   Société publique locale méditerranée (SPLM), Place Général de Gaulle 
   immeuble Médival  entrée B-, À l'attention de: Monsieur le directeur
   général, La Valette-du-Var 83160, FRANCE. Téléphone: +33 494141003.
   Fax: +33 494141001. E-mail: service.immobilier@semexval.fr
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.1.2016,
   [1]2016/S 011-015412)
   Objet:
   CPV:71200000
   Services d'architecture
   Au lieu de:
   II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   (...)
   Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
   191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
   Pablo Picasso sur la Commune de la Valette du Var. Une ancienne
   construction se situe actuellement sur la parcelle AX 250 et devra donc
   être démolie.
   (...)
   Lire:
   II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   (...)
   Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
   191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
   Pablo Picasso sur la Commune de La Valette du Var. Une ancienne
   construction se situe actuellement sur la parcelle AX 192 et devra donc
   être démolie.
   (...)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisen bahnen; Nivellierungsarbeiten - SE-Herrljunga
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Glasfasermaterial
Glasfaserkabel für die Datenübertragung
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
Aushubarbeiten
Rohrverlegearbeiten
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
Mit dem Fernmeldewesen verbundene Arbeiten
Schweißarbeiten
Installation von Computerkabelnetzen
Dokument Nr...: 20373-2016 (ID: 2016012109092958557)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  SE-Herrljunga: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisen
bahnen; Nivellierungsarbeiten
   2016/S 14/2016 20373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Skölvene Fiber ekonomisk förening
   Zu Händen von: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]jan.altergard@tele2.se
   Weitere Auskünfte erteilen: Skölvene Fiber ekonomisk förening
   Zu Händen von: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SCHWEDEN
   E-Mail: [5]jan.altergard@tele2.se
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: TendSign
   Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Skölvene Fiber
   ekonomisk förening
   Zu Händen von: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SCHWEDEN
   E-Mail: [7]jan.altergard@tele2.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45230000, 32560000, 32562300, 45112000, 45112400, 45231110, 45232300,
   45232332, 45262680, 45314320
   Beschreibung
   Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
   Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
   Glasfasermaterial.
   Glasfaserkabel für die Datenübertragung.
   Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
   Aushubarbeiten.
   Rohrverlegearbeiten.
   Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und
   Fernmeldeleitungen.
   Mit dem Fernmeldewesen verbundene Arbeiten.
   Schweißarbeiten.
   Installation von Computerkabelnetzen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
   5. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
   6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
   7. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
OT: 21/01/2016    S14    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Herrljunga: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar,
   kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och
   järnvägar; mark- och grundarbeten
   2016/S 014-020373
   Meddelande om upphandling
   Tjänster
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Skölvene Fiber ekonomisk förening
   Att: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SVERIGE
   E-post: [6]jan.altergard@tele2.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Skölvene Fiber ekonomisk
   förening
   Att: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SVERIGE
   E-post: [7]jan.altergard@tele2.se
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: TendSign
   Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Skölvene Fiber
   ekonomisk förening
   Att: Jan Altergård
   SE-524 92 Herrljunga
   SVERIGE
   E-post: [9]jan.altergard@tele2.se
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Annan
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Totalentreprenad passivt bredbandsfibernät.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 5: Telekommunikationstjänster
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Herrljunga.
   NUTS-kod SE232
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Plöjning/grävning av fiberslang, kopplingsskåp, brunnar m.m.
   Blåsning av fiber, kontaktering, GPS-inmätning etc.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   45230000, 32560000, 32562300, 45112000, 45112400, 45231110, 45232300,
   45232332, 45262680, 45314320
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   16/1
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   15.2.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 15.5.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   VI.2)Information om EU-medel
   VI.3)Kompletterande information
   Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dimfskpg
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen un d audiovisuellen Anlagen - LV-Riga
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovis
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 20473-2016 (ID: 2016012109104258671)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  LV-Riga: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen un
d audiovisuellen Anlagen
   2016/S 14/2016 20473
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
   Brvbas iela 49/53
   Kontaktstelle(n): Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
   Zu Händen von: Ieva Rudzte
   Rga, LV-1010
   LETTLAND
   Telefon: +371 67105780
   E-Mail: [4]ieva.rudzite@riga.lv
   Fax: +371 67037023
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.riga.lv
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50300000, 72000000
   Beschreibung
   Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit
   Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen
   Anlagen.
   IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 3.3.2016 - 11:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 11:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Lettisch.
References
   4. mailto:ieva.rudzite@riga.lv?subject=TED
   5. http://www.riga.lv/
   6. https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
OT: 21/01/2016    S14    - - Pakalpojumi - Paziojums par lgumu - Atklta
   procedra
   Latvija-Rga: Remonta, tehnisks apkopes un saisttie pakalpojumi
   attiecb uz personlajiem datoriem, biroja iekrtm, telekomunikcijm
   un audiovizulajm iekrtm
   2016/S 014-020473
   Paziojums par lgumu
   Pakalpojumi
   Direktva 2004/18/EK
   I iedaa: Lgumsldzja iestde
   I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
   Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
   Brvbas iela 49/53
   Kontaktpunkts(-i): Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
   Kontaktpersona(-as): Ieva Rudzte
   Rga, LV-1010
   LATVIJA
   Tlrunis: +371 67105780
   E-pasts: [6]ieva.rudzite@riga.lv
   Fakss: +371 67037023
   Interneta adrese(-s):
   Lgumsldzjas iestdes galven adrese: [7]http://www.riga.lv
   Pircja profila adrese:
   [8]https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
   Papildu informciju var saemt: iepriek mintaj(-os)
   kontaktpunkt(-os)
   Specifikcijas un papildu dokumentus (ar dokumentus attiecb uz
   konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistmu) var saemt: iepriek
   mintaj(-os) kontaktpunkt(-os)
   Piedvjumi vai dalbas pieteikumi jsta: iepriek mintaj(-os)
   kontaktpunkt(-os)
   I.2)Lgumsldzjas iestdes veids
   Reionla vai vietja iestde
   I.3)Galven darbbas joma
   Visprji sabiedriskie pakalpojumi
   I.4)Lguma slganas tiesbu pieirana citu lgumsldzju iestu
   vrd
   Lgumsldzja iestde veic iepirkumu citu lgumsldzju iestu vrd:
   n
   II iedaa: Lguma priekmets
   II.1)Apraksts
   II.1.1)Lgumsldzjas iestdes pieirtais lguma nosaukums:
   Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
   optimizcija.
   II.1.2)Lguma veids un bvdarbu veikanas, piegdes vai pakalpojumu
   snieganas vieta
   Pakalpojumi
   Pakalpojumu kategorija Nr. 1: Apkopes un remonta pakalpojumi
   Galven bvdarbu veikanas vieta, piegdes vai pakalpojumu snieganas
   vieta: Rga.
   NUTS kods LV006
   II.1.3)Informcija par publisko iepirkumu lgumu, visprgo vienoanos
   vai dinamisko iepirkumu sistmu (DIS)
   Paziojums paredz publisk iepirkuma lgumu
   II.1.4)Informcija par visprgo vienoanos
   II.1.5)ss lguma vai iepirkuma(-u) apraksts
   Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
   optimizcija.
   II.1.6)Kopj publisk iepirkuma vrdnca (CPV)
   50300000, 72000000
   II.1.7)Informcija par Valsts iepirkuma nolgumu (GPA)
   Lgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolgums (GPA): j
   II.1.8)Daas
   Lgums ir sadalts das: n
   II.1.9)Informcija par variantiem
   II.2)Lguma daudzums vai apjoms
   II.2.1)Kopjais daudzums vai apjoms:
   Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
   optimizcija.
   Paredzam vrtba bez PVN: 990 000 EUR
   II.2.2)Informcija par iespjm
   Iespjas: n
   II.2.3)Informcija par atjaunoanu
   Lgumu var atjaunot: n
   II.3)Lguma darbbas laiks vai izpildes termi
   Ilgums mneos: 60 (no lguma slganas tiesbu pieiranas dienas)
   III iedaa: Juridisk, saimniecisk, finansil un tehnisk informcija
   III.1)Ar lgumu saisttie nosacjumi
   III.1.1)Prasts iemaksas un garantijas:
   Saska ar nolikuma 1.6. punktu.
   III.1.2)Galvenie finansanas nosacjumi un maksjumu krtba un/vai
   atsauce uz attiecgajiem noteikumiem, kas tos reglament:
   Saska ar nolikuma 6. punkt ietvert lguma projekta 4. punktu.
   III.1.3)Juridisk forma, kd japvienojas uzmju grupai, kurai
   paredzts pieirt lguma slganas tiesbas:
   III.1.4)Citi konkrti nosacjumi
   Uz lguma izpildi attiecas pai nosacjumi: n
   III.2)Dalbas nosacjumi
   III.2.1)Uzmju personiskais stvoklis, ieskaitot prasbas attiecb
   uz iekauanu profesionlajos vai amatniecbas reistros
   Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
   prasbas ir izpildtas: Saska ar nolikuma 3. punktu.
   III.2.2)Saimniecisks un finansils spjas
   Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
   prasbas ir izpildtas: Saska ar nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktiem.
   Standartu minimums, kas vartu bt jizpilda: Saska ar nolikuma
   4.2.1. punktu.
   III.2.3)Tehnisks spjas
   Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
   prasbas ir izpildtas:
   Saska ar nolikuma 4.1.3.  4.1.8. punktiem.
   Standartu minimums, kas vartu bt jizpilda:
   Sask ar nolikuma 4.2.2.  4.2.6. punktiem.
   III.2.4)Informcija par privileto tiesbu lgumiem
   III.3)pai nosacjumi pakalpojumu lgumiem
   III.3.1)Informcija par konkrto profesiju
   Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrts profesijas prstvjiem:
   n
   III.3.2)Personls, kas atbildgs par pakalpojuma izpildi
   Juridiskm vienbm jnorda par pakalpojuma izpildi atbildgo
   darbinieku vrdi un profesionl kvalifikcija: n
   IV iedaa: Procedra
   IV.1)Procedras veids
   IV.1.1)Procedras veids
   Atklta
   IV.1.2)Ierobeojumi attiecb uz uzmju skaitu, ko uzaicins iesniegt
   piedvjumus vai piedalties
   IV.1.3)Uzmju skaita samazinana sarunu vai dialoga laik
   Piemro procedru, ko dala posmos, lai pakpeniski samazintu
   apsprieamo risinjumu vai piedvjumu skaitu n
   IV.2)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
   IV.2.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
   Viszemk cena
   IV.2.2)Informcija par elektronisko izsoli
   Tiks piemrota elektronisk izsole: n
   IV.3)Administratv informcija
   IV.3.1)Identifikcijas numurs, ko pierusi lgumsldzja iestde:
   RDITC 2016/002
   IV.3.2)Iepriekja(-as) publikcija(-as) par o pau lgumu
   n
   IV.3.3)Nosacjumi specifikciju un papildu dokumentu vai apraksto
   dokumenta saemanai
   Termi dokumentu pieprasjumu saemanai vai piekuvei dokumentiem:
   3.3.2016 - 11:00
   Dokumenti ir par samaksu: n
   IV.3.4)Piedvjumu vai dalbas pieteikumu saemanas termi
   3.3.2016 - 11:00
   IV.3.5)Datums, kad atlastajiem kandidtiem nostts dalbas vai
   piedvjumu iesnieganas uzaicinjums
   IV.3.6)Valoda(-as), kur(-s) var sagatavot projektu vai dalbas
   pieteikumu
   latvieu valoda.
   IV.3.7)Minimlais laika posms, kura laik pretendentam juztur
   piedvjums
   IV.3.8)Piedvjumu atvranas nosacjumi
   Datums: 3.3.2016 - 11:00
   Vieta:
   Rga, Brvbas iela 49/53.
   Personas, kurm ir atauts piedalties piedvjumu atvran: j
   Papildu informcija par personm, kurm atauts piedalties piedvjumu
   atvran, un par piedvjumu atvranu: Visas ieinterests personas.
   VI iedaa: Papildinformcija
   VI.1)Informcija par periodiskumu
   is ir krtjais iepirkums: n
   VI.2)Informcija par Eiropas Savienbas fondiem
   Lgums ir saistts ar projektu un/vai programmu, ko finans no Eiropas
   Savienbas fondiem: n
   VI.3)Papildu informcija
   VI.4)Prsdzbas procedras
   VI.4.1)Struktra, kas atbildga par prsdzbas procedrm
   Iepirkumu uzraudzbas birojs
   Eksporta iela 6
   RgaLV-
   LATVIJA
   E-pasts: [9]pasts@iub.gov.lv
   Tlrunis: +371 67326719
   Fakss: +371 67326720
   VI.4.2)Prsdzbu iesniegana
   VI.4.3)Iestde, kur var saemt informciju par prsdzbu iesnieganu
   Iepirkumu uzraudzbas birojs
   Eksporta iela 6
   RgaLV-
   LATVIJA
   E-pasts: [10]pasts@iub.gov.lv
   Tlrunis: +371 67326719
   Fakss: +371 67326720
   VI.5) paziojuma nostanas datums:
   13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - FR-Bayonne
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 20573-2016 (ID: 2016012109114958769)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  FR-Bayonne: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   2016/S 14/2016 20573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   CCI de Bayonne Pays Basque
   50-51 allées Marines
   Kontaktstelle(n): CCI Bayonne Pays Basque
   Zu Händen von: M. Bedere Jean-Philippe
   64100 Bayonne
   FRANKREICH
   Telefon: +33 559465905
   E-Mail: [4]j.bedere@bayonne.cci.fr
   Fax: +33 559465991
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.bayonne.cci.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77310000
   Beschreibung
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Basterrak Espaces Verts
   14 avenue de Biarritz
   64600 Anglet
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 8 905 EUR
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SARL Atout Vert
   289 route Départementale 817
   64300 Argagnon
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 504,50 EUR
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SARL Atout Vert
   289 route Départementale 817
   64300 Argagnon
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 26 484,30 EUR
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Bazterrak Espaces Verts
   14 avenue de Biarritz
   64600 Anglet
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 285 EUR
References
   4. mailto:j.bedere@bayonne.cci.fr?subject=TED
   5. http://www.bayonne.cci.fr/
   6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 21/01/2016    S14    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Bayonne: Réalisation et entretien d'espaces verts
   2016/S 014-020573
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   CCI de Bayonne Pays Basque
   50-51 allées Marines
   Point(s) de contact: CCI Bayonne Pays Basque
   À l'attention de: M. Bedere Jean-Philippe
   64100 Bayonne
   FRANCE
   Téléphone: +33 559465905
   E-mail: [6]j.bedere@bayonne.cci.fr
   Fax: +33 559465991
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.bayonne.cci.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Accès électronique à l'information:
   [9]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Autre: Appui aux entreprises, formation, gestion d'équipements
   portuaires
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Marché d'entretien des espaces verts de la CCI de Bayonne Pays Basque.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 27: Autres services
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Marché d'entretien des espaces verts de la CCI de Bayonne Pays Basque.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   77310000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique  nombre de salariés attachés à la mission.
   Pondération 10
   2. Valeur technique  moyens techniques et matériels utilisés.
   Pondération 10
   3. Valeur technique  méthodologie de travail proposée et méthodologie
   de suivi et de contrôle de la bonne exécution du marché. Pondération 20
   4. Prix. Pondération 40
   5. Qualité environnementale, santé et sécurité de l'offre. Pondération
   20
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   CCIBAYESPVERTS2015
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 168-306821 du 1.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Basterrak Espaces Verts
   14 avenue de Biarritz
   64600 Anglet
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 8 905 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 2 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SARL Atout Vert
   289 route Départementale 817
   64300 Argagnon
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 7 504,50 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 3 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SARL Atout Vert
   289 route Départementale 817
   64300 Argagnon
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 26 484,30 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 4 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Bazterrak Espaces Verts
   14 avenue de Biarritz
   64600 Anglet
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 3 285 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-132376, mise en ligne le 27.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Pau
   50 cours Lyautey
   64010 Pau
   E-mail: [12]greffe.ta-pau@juradm.fr
   Téléphone: +33 559849440
   Fax: +33 559024993
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Pau
   50 cours Lyautey
   64010 Pau
   E-mail: [13]greffe.ta-pau@juradm.fr
   Téléphone: +33 559849440
   Fax: +33 559024993
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Behindertenfürsorgeleistungen - RO-Targoviste
Behindertenfürsorgeleistungen
Dokument Nr...: 20673-2016 (ID: 2016012109124358865)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  RO-Targoviste: Behindertenfürsorgeleistungen
   2016/S 14/2016 20673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
   Str. I. C. Vissarion nr. 1
   Zu Händen von: Ionela Prunache
   130011 Targoviste
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 245217686 / 245614615
   E-Mail: [4]ionela_prunache@yahoo.com
   Fax: +40 245614623
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.dgaspcdb.ro
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   85311200
   Beschreibung
   Behindertenfürsorgeleistungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 620 424 RON
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 115144
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Fundatia Cara Bella International
   Str. Acad. Serban Cioculescu nr. 40
   135200 Gaesti
   RUMÄNIEN
   E-Mail: [6]gtomescu57@yahoo.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 671 055 RON
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 620 424 RON
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:ionela_prunache@yahoo.com?subject=TED
   5. http://www.dgaspcdb.ro/
   6. mailto:gtomescu57@yahoo.com?subject=TED
OT: 21/01/2016    S14    - - Servicii - Anunt de atribuire - Procedur de
   negociere
   România-Targoviste: Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
   2016/S 014-020673
   Anun de atribuire a contractului
   Servicii
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
   Str. I. C. Vissarion nr. 1
   În atenia: Ionela Prunache
   130011 Targoviste
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 245217686 / 245614615
   E-mail: [6]ionela_prunache@yahoo.com
   Fax: +40 245614623
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa general a autoritii contractante: [7]www.dgaspcdb.ro
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Altele: institutie publica
   I.3)Activitate principal
   Protecie social
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului
   Servicii sociale rezidentiale de tip familial pentru copii cu
   dizabilitati
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Servicii
   Categoria de servicii nr 25: Servicii de sntate i asisten social
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Gaesti.
   Cod NUTS RO313
   II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
   dinamic (SAD)
   II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   Servicii sociale rezidentiale de tip familial pentru copii cu
   dizabilitati.
   II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   85311200
   II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): nu
   II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
   Valoare: 620 424 RON
   Fr TVA
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Negociere cu publicarea unei convocri la licitaie
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   S-a organizat o licitaie electronic: nu
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant
   79063
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   nu
   Seciunea V: Atribuirea contractului
   Contract nr: 115144 Denumire: Servicii sociale rezidentiale de tip
   familial pentru copii cu dizabilitati
   V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
   4.1.2016
   V.2)Informaii privind ofertele
   Numrul de oferte primite: 1
   V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
   o decizie de atribuire a contractului
   Fundatia Cara Bella International
   Str. Acad. Serban Cioculescu nr. 40
   135200 Gaesti
   ROMÂNIA
   E-mail: [8]gtomescu57@yahoo.com
   V.4)Informaii privind valoarea contractului
   Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
   Valoare: 671 055 RON
   Fr TVA
   Valoarea total final a contractului:
   Valoare: 620 424 RON
   Fr TVA
   În cazul unei valori anuale sau lunare:
   Numrul de ani: 1
   V.5)Informaii privind subcontractarea
   Este posibil subcontractarea: nu
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: nu
   VI.2)Informaii suplimentare:
   VI.3)Ci de atac
   VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
   VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
   VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   VI.4)Data expedierii prezentului anun:
   18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Forschungslabordienste - PL-Warschau
Forschungslabordienste
Dokument Nr...: 2073-2016 (ID: 2016010509112339418)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  PL-Warschau: Forschungslabordienste
   2016/S 2/2016 2073
   Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gówny Inspektorat Farmaceutyczny
   ul. Senatorska 12
   Zu Händen von: Tabor Maria
   00-082 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 224410733
   E-Mail: [5]tabor@gif.gov.pl
   Fax: +48 224410737
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.gif.gov.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   73111000
   Beschreibung
   Forschungslabordienste .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Narodowy Instytut Leków
   ul Chemska 30/34
   00-725 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 228514376
   Internet-Adresse: [7]www.nil.gov.pl
   Fax: +48 224810652
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLEN
   E-Mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
   Telefon: +48 224587801
   Internet-Adresse: [9]www.uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
References
   5. mailto:tabor@gif.gov.pl?subject=TED
   6. http://www.gif.gov.pl/
   7. http://www.nil.gov.pl/
   8. mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
   9. http://www.uzp.gov.pl/
OT: 05/01/2016    S2    - - Usugi - Ogoszenie o dobrowolnej
   przejrzystoci ex ante - Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Polska-Warszawa: Laboratoryjne usugi badawcze
   2016/S 002-002073
   Ogoszenie o dobrowolnej przejrzystoci ex ante
   Niniejsze ogoszenie objte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca/podmiot zamawiajcy
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Gówny Inspektorat Farmaceutyczny
   ul. Senatorska 12
   Osoba do kontaktów: Tabor Maria
   00-082 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224410733
   E-mail: [6]tabor@gif.gov.pl
   Faks: +48 224410737
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej/ podmiotu zamawiajcego:
   [7]www.gif.gov.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
   regionalne i lokalne
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów
   zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca/podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu
   innych instytucji/podmiotów zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Planowe badania jakociowe produktów leczniczych w 2016r :a) pod ktem
   sfaszowania produktów leczniczych b) w ramach kontroli planowej z
   rynku podmioty odpowiedzialne.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 8: Usugi badawcze i rozwojowe
   Kod NUTS PL
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Planowe badania jakoci produktów leczniczych w 2016 roku
   Przedmiotem zamówienia jest zadanie okrelone w decyzji Dyrektora
   Generalnego z dnia 1 grudnia 2015 roku znak GIF-BGG-ZAG-271/4/MT/2015 
   Prowadzenie kontroli planowej bada produktów leczniczych znajdujcych
   si w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub produktów
   leczniczych, w tym weterynaryjnych wytwarzanych lub importowanych na
   terytorium RP okrelone w dokumentacji do celów prowadzonego
   postpowania przetargowego jako:
   Planowe badania jakoci produktów leczniczych w 2016 roku:
   w zakresie podejrzenia sfaszowania produktów leczniczych  A
   w ramach kontroli planowej z rynku  (podmioty odpowiedzialne)  B
   badania substancji czynnych  w przypadku podejrzenia wady jakociowej
   lub sfaszowania
   badania produktu leczniczego w przypadku podejrzenia wady jakociowej
   lub sfaszowania
   (kod usugi wg CPV  Wspólnego sownika zamówie zgodnie z
   rozporzdzeniem 213/2008 UE  73111000-3 Laboratoryjne usugi
   badawcze).
   Zgodnie z przepisem art. 115 pkt 5a ustawy z dnia 6.09.2001 Prawo
   farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pón. zmianami) Gówny
   Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad jakoci produktów
   leczniczych znajdujcych si w obrocie, w ramach pastwowych bada
   jakociowych produktów leczniczych, w trybie okrelonym przepisami
   rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 w sprawie
   okrelenia wzorów dokumentów zwizanych z przeprowadzeniem kontroli i
   inspekcji przez Pastwow Inspekcj Farmaceutyczn oraz wzoru
   orzeczenia o wyniku bada jakociowych pobranych próbek ( Dz. U. Nr
   129, poz. 1069)W zwizku z ustaw z dnia 19.12.2014 o zmianie ustawy 
   Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw opublikowanej dnia
   8.01.2015 implementujc Dyrektyw 62/2011/UE z dnia 8.06. 2011 w
   sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszcego si do produktów leczniczych
   stosowanych u ludzi  Inspekcja Farmaceutyczna sprawuj nadzór w
   zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfaszowanych produktów leczniczych
   do legalnego acucha dystrybucji  lista A.
   Jednoczenie zgodnie z przepisem art. 108a ust. 1 i 2 wspomnianej
   ustawy podmiot odpowiedzialny pokrywa koszty bada i pobrania próbki
   produktu leczniczego w przypadku gdy wyniki bada przeprowadzonych na
   podstawie art. 108 ust 4 pkt 5 lub art. 115 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia
   6.09. 2001 Prawo farmaceutyczne potwierdz, e produkt leczniczy nie
   spenia okrelonych dla niego wymaga jakociowych oraz równie w
   przypadku, gdy produkt leczniczy spenia okrelone dla niego wymagania
   jakociowe  lista B.
   Zgodnie z przepisem art. 121.1b Gówny inspektor Farmaceutyczny moe w
   drodze decyzji, skierowa do bada jakociowych prowadzonych przez
   jednostki, o których mowa w adt 22 ust 2 okrelon seri substancji
   czynnej na koszt wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji
   czynnej.
   Planowe badania jakoci produktów leczniczych obejmuje:
   1.Wykonanie bada analitycznych:
   chemicznych: okrelenie tosamoci produktu, wspóistniejcych
   zanieczyszcze, oznaczenie zawartoci substancji skadowych,
   fizyko-chemicznych: dotyczcych pomiaru charakterystycznych parametrów
   dla danego produktu leczniczego, np.: temperatur topnienia,
   krzepnicia, pomiaru lepkoci, gstoci, okrelanie wygldu substancji,
   stopnia rozdrobnienia, zapachu, barwy itp. oraz bada z zastosowaniem
   metod chromatograficznych, elektroforezy, polarografii, spektrometrii,
   fluorymetrii itp.
   2.Sprawdzanie zgodnoci opakowa oraz druków informacyjnych produktów
   leczniczych z wzorami zatwierdzonymi w procesie rejestracji.
   3.Inne badania wynikajce ze specyfikacji danego produktu  okrelone w
   jego dokumentacji rejestracyjnej.
   4.Wykonywanie innych /dodatkowych analiz i bada po uprzednim ustaleniu
   ich celowoci i zakresu
   Badania powinny by prowadzone w oparciu o normy
   producenta/specyfikacje zatwierdzone w procesie rejestracyjnym dla
   danego produktu leczniczego, zgodnie z metodyk bada ustalon w
   dokumentach rejestracyjnych. Dodatkowo zgodnie z zapisem art. 25 ustawy
   z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne podstawowe wymagania jakociowe
   oraz metody bada produktów leczniczych i ich opakowa oraz surowców
   farmaceutycznych odpowiada musz wymaganiom i badaniom okrelonym w
   Farmakopei Europejskiej albo Farmakopei Polskiej lub odpowiednich
   farmakopeach uznawanych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej lub
   pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (
   EFTA)  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   73111000
   II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 865 946,32 EUR
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   Negocjacyjna bez publikacji ogoszenia o zamówieniu/uprzedniego
   ogoszenia
   Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji
   ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy
   2004/18/WE
   Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedur
   ograniczon
   Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
   tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn: technicznych
   Ustawa Prawo farmaceutyczne nakada na Gównego Inspektora
   Farmaceutycznego zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad jakoci
   produktów leczniczychwyt warzanych importowanych i znajdujcych si w
   obrocie, jak te w zakresie nadzoru w zakresie zapobiegania
   wprowadzania sfaszowanych produktów leczniczych do legalnego acucha
   dystrybucji Zadania te wykonywane s w ramach pastwowych bada.
   Realizacja zada, o którym mowa w ustawie wymaga prowadzenia bada,
   umoliwiajcych m.in. kontrolowaniejakoci produktów leczniczych, jak
   te nadzoru w zakresie zapobiegania wprowadzania sfaszowanych
   produktów leczniczych do obrotu. Z uwagi na szczególny charakter bada
   Prawo farmaceutyczne przewiduje, e badania jakociowe leków mog by
   wykonane na podstawie umowy z jednostkami wskazanymi przezMinistra
   Zdrowia. Narodowy Instytut Leków jest jedyn jednostk badawcz
   zlokalizowan na terytorium RP posiadajc odpowiednio wykwalifikowan
   kadr, dowiadczenie w zakresie analizy produktów leczniczych oraz
   zaplecze materiaowo  techniczne niezbdne do przeprowadzenia
   kompleksowych bada w penym zakresie objtym przedmiotem umowy.
   Jednostka ta jest nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia i peni rol
   suby pastwowej w systemie ochrony zdrowia, wykonujc jednoczenie
   zadania Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów
   Medycznych i Produktów Biobójczych. Warto doda, e szczególnycharakter
   Narodowego Instytutu Leków potwierdzaj równie informacje uzyskane od
   innych jednostek badawczych w kraju. W tej sytuacji  jak ju wskazano
   powyej  jedynie Narodowy Instytut Leków (jednostka wskazana przez
   Ministra Zdrowia) jest w stanie wykona caociowo przedmiot umowy i
   jako jedyna jednostkadaje gwarancj prawidowej realizacji zada
   wykonywanych w ramach bada pastwowych. Dodatkowo naley podnie, e
   Narodowy Instytut Leków jako jednostka podlegajca nadzorowi Ministra
   Zdrowia zapewnianajwysze standardy dotyczce zachowania poufnoci, w
   szczególnoci w zakresie dokumentacji rejestracyjnej,co m.in. z uwagi
   na specyfik przedmiotu umowy oraz bezpieczestwo ma fundamentalne
   znaczenie. Wobec tych okolicznoci realizacja ww. bada nie moe zosta
   powierzona innemu wykonawcy. Jednoczenie naleywskaza, i w Narodowym
   Instytucie Leków funkcjonuje system zarzdzania jakoci zgodny z norm
   PN  ENISO/IEC 17025:2005, co gwarantuje odpowiedni jako
   wykonywanych bada. Ponadto Narodowy Instytut Leków jest jednostk
   wspópracujc z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakoci Produktu
   Leczniczego EDQM z siedzib w Strasburgu w ramach sieci oficjalnych
   laboratoriów kontroli jakoci produktów leczniczych OMCL.
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   /podmiot zamawiajcy
   GIF-BDG-ZAG-271/4/MT/15
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Narodowy Instytut Leków
   ul Chemska 30/34
   00-725 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 228514376
   Adres internetowy: [8]www.nil.gov.pl
   Faks: +48 224810652
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 865 946,32 EUR
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 865 946,32 EUR
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Systemwartung - BG-Sofia
Systemwartung
Dokument Nr...: 20773-2016 (ID: 2016012109135758952)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  BG-Sofia: Systemwartung
   2016/S 14/2016 20773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Natsionalna agentsiya za prihodite
   bul. Knyaz Al. Dondukov No. 52
   Kontaktstelle(n): TsU na NAP, direktsiya Darzhavni vzemaniya
   Zu Händen von: Svetla Dimitrova
   1000 Sofiya
   BULGARIEN
   Telefon: +359 298595072
   Fax: +359 298593348
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.nap.bg
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.nap.bg/page?id=302
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://www.nap.bg/news?id=2676
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50324100
   Beschreibung
   Systemwartung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 35 280 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 224
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
    , : 833127568
   .    38
   6000  
   BULGARIEN
   E-Mail: [7]alphasys@mail.orbitel.bg
   Telefon: +359 42604078
   Fax: +359 42604078
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 352 BGN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 280 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
References
   4. http://www.nap.bg/
   5. http://www.nap.bg/page?id=302
   6. http://www.nap.bg/news?id=2676
   7. mailto:alphasys@mail.orbitel.bg?subject=TED
OT: 21/01/2016    S14    - -  -      -
    
   -:      
   2016/S 014-020773
      
   
    2004/18/
    :  
   I.1),   /  
      
   131063188
   .  .   52
   /  :   ,   
     :  
   1000 
   
   : +359 298595072
      : [6]svetla.dimitrova@nra.bg
   : +359 298593348
    /:
        : [7]http://www.nap.bg
       : [8]http://www.nap.bg/page?id=302
      : [9]http://www.nap.bg/news?id=2676
   I.2)   
          ,
        
   I.3) 
     
      
   I.4)        
            :
   
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
           
   .
   II.1.2)        , 
          
   
      7:      
          ,  
         : 
       .   23  .  .   52 (
   )     .
    NUTS BG411
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /
           
    :
           
          ;
            
         ;
            
     ,      / 
            
     .     30 //
        ;
            
            
       30 //    ;
             ,
            
      ;
            ( ,
     ),      
          ;
           
          ;
          ,  
       ,     
    ;
           
            
        Windows  SQL Server;
           ;
            (,   .) 
     , ,    .,    
     ;
            
           
           
            
    .
   II.1.5)O   (CPV)
   50324100
   II.1.6)      (GPA)
            (GPA):
   
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 35 280 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.2)  
   IV.2.1)  
   - 
   IV.2.2)   
      : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,    
   IV.3.2)    
      
         : [10]2015/S 039-066690  25.2.2015
     
         : [11]2015/S 158-290936  18.8.2015
    V:   
    : 224
   V.1)      :
   4.12.2015
   V.2)  
      : 2
   V.3)     ,    
        
    , : 833127568
   .    38
   6000  
   
      : [12]alphasys@mail.orbitel.bg
   : +359 42604078
   : +359 42604078
   V.4)    
        :
   : 35 352 BGN
       
        :
   : 35 280 BGN
       
             :
    : 24
   V.5)    /
          /: 
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
       6  ,    
             
    ,       4  ,
       ,    30 .
   VI.3)  
   VI.3.1),      
     
   .   2
   1000 
   
      : [13]adm.sgs@scc.bg
   : +359 2921988
    : [14]http://www.scc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schmieröle und Schmierstoffe - DK-Fredericia
Schmieröle und Schmierstoffe
Getriebeöle
Dokument Nr...: 20873-2016 (ID: 2016012109150159060)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  DK-Fredericia: Schmieröle und Schmierstoffe
   2016/S 14/2016 20873
   DONG Energy Wind Power A/S, 36213728, Kraftværksvej 53, DONG Energy
   Wind Power A/S, Zu Händen von: Ib Nederskov Lygum, Fredericia 7000,
   DÄNEMARK. Telefon: +45 99554325. E-Mail: ibnly@dongenergy.dk
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
   246-448397)
   Betr.:
   CPV:09211000, 09211400
   Schmieröle und Schmierstoffe
   Getriebeöle
   Anstatt:
   III.1.4) Other particular conditions:
   The performance of the contract is subject to particular conditions:
   yes
   Description of particular conditions: The applicants must sign a
   confidentiality agreement with DONG Energy in order to receive the
   invitation to tender and tender documents.
   The winning tenderers must sign a non-disclosure agreement (NDA) with
   DONG Energy for the performance of the contract.
   IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   20.1.2016 (14:00)
   VI.3) Additional information:
   Requests for pre-qualification including the required information
   attached must be sent by email to the point of contact stated in this
   eNotice.
   The accepted file formats must be Microsoft Office and Adobe pdf
   compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is larger
   than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject field
   a successive numbering and the total number of emails (No. X of Y) must
   be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a zipped
   file.
   Upon receipt of a request to be pre-qualified, DONG Energy shall submit
   by email a confidentiality agreement to be duly signed by the applicant
   and returned to DONG Energy at the following address without undue
   delay:
   An electronic pdf copy of the duly signed confidentiality agreement by
   email within 1-2 days from receipt to:
   [2]ibnly@dongenergy.dk
   1 original duly signed paper version of the confidentiality agreement
   submitted the same date as the electronic copy by courier to:
   DONG Energy WInd Power A/S, Nesa Allé 1, 2820, Gentofte, Denmark.
   Att.: Contract Manager, Ib Nederskov Lygum (IBNLY) M.1
   Documentation of the power of attorney of the signatory or signatories
   of the duly signed confidentiality agreement must be included with the
   electronic version of the agreement sent by email.
   DONG Energy's receipt of a duly signed confidentiality agreement by the
   applicant including attached sufficient documentation is one of the
   conditions for participation.
   DONG Energy will perform the selection of pre-qualified suppliers based
   on the conditions for participation, and will only submit the
   invitation to tender, containing the tender conditions and draft
   contract agreement documents, to applicants who have been
   pre-qualified.
   DONG Energy will award the two contracts based on award criteria that
   are stated in the tender documents.
   Other additional information:
   The time limit for requests to participate is extended to 20.1.2016 at
   14:00 local Danish time due to the corrections and additional
   information provided in this present eNotice.
   muss es heißen:
   III.1.4) Other particular conditions:
   The performance of the contract is subject to particular conditions:
   yes
   Description of particular conditions: The winning tenderers must sign a
   non-disclosure agreement (NDA) with DONG Energy for the performance of
   the contract.
   IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   1.2.2016 (14:00) local Danish time
   VI.3) Additional information:
   Requests for pre-qualification (including attached electronic versions
   of the required information cf. section III: Legal, economic, financial
   and technical information) must be sent by email to the point of
   contact stated in this eNotice.
   Please note: the accepted file formats must be Microsoft Office and
   Adobe pdf compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is
   larger than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject
   field a successive numbering and the total number of emails (No. X of
   Y) must be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a
   zipped file.
   Upon the expiry of the time limit for requests to participate (cf.
   IV.3.4)), DONG Energy will commence to perform the selection of
   pre-qualified suppliers based on the conditions for participation, and
   will only submit the invitation to tender, containing the tender
   conditions and draft contract agreement documents, to applicants who
   have been pre-qualified.
   DONG Energy will award the 2 contracts based on award criteria that are
   stated in the tender documents.
   Other additional information:
   The time limit for requests to participate is extended to 1.2.2016 at
   14:00 local Danish time due to the corrections and additional
   information provided in this present eNotice.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448397-2015:TEXT:DE:HTML
   2. mailto:ibnly@dongenergy.dk?subject=TED
OT: 21/01/2016    S14    - - Supplies - Additional information - Negotiated
   procedure
   Denmark-Fredericia: Lubricating oils and lubricating agents
   2016/S 014-020873
   DONG Energy Wind Power A/S, 36213728, Kraftværksvej 53, DONG Energy
   Wind Power A/S, For the attention of: Ib Nederskov Lygum, Fredericia
   7000, DENMARK. Telephone: +45 99554325. E-mail: ibnly@dongenergy.dk
   (Supplement to the Official Journal of the European Union, 19.12.2015,
   [1]2015/S 246-448397)
   RE:
   CPV:09211000, 09211400
   Lubricating oils and lubricating agents
   Gear oils
   Instead of:
   III.1.4) Other particular conditions:
   The performance of the contract is subject to particular conditions:
   yes
   Description of particular conditions: The applicants must sign a
   confidentiality agreement with DONG Energy in order to receive the
   invitation to tender and tender documents.
   The winning tenderers must sign a non-disclosure agreement (NDA) with
   DONG Energy for the performance of the contract.
   IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   20.1.2016 (14:00)
   VI.3) Additional information:
   Requests for pre-qualification including the required information
   attached must be sent by email to the point of contact stated in this
   eNotice.
   The accepted file formats must be Microsoft Office and Adobe pdf
   compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is larger
   than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject field
   a successive numbering and the total number of emails (No. X of Y) must
   be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a zipped
   file.
   Upon receipt of a request to be pre-qualified, DONG Energy shall submit
   by email a confidentiality agreement to be duly signed by the applicant
   and returned to DONG Energy at the following address without undue
   delay:
   An electronic pdf copy of the duly signed confidentiality agreement by
   email within 1-2 days from receipt to:
   [2]ibnly@dongenergy.dk
   1 original duly signed paper version of the confidentiality agreement
   submitted the same date as the electronic copy by courier to:
   DONG Energy WInd Power A/S, Nesa Allé 1, 2820, Gentofte, Denmark.
   Att.: Contract Manager, Ib Nederskov Lygum (IBNLY) M.1
   Documentation of the power of attorney of the signatory or signatories
   of the duly signed confidentiality agreement must be included with the
   electronic version of the agreement sent by email.
   DONG Energy's receipt of a duly signed confidentiality agreement by the
   applicant including attached sufficient documentation is one of the
   conditions for participation.
   DONG Energy will perform the selection of pre-qualified suppliers based
   on the conditions for participation, and will only submit the
   invitation to tender, containing the tender conditions and draft
   contract agreement documents, to applicants who have been
   pre-qualified.
   DONG Energy will award the two contracts based on award criteria that
   are stated in the tender documents.
   Other additional information:
   The time limit for requests to participate is extended to 20.1.2016 at
   14:00 local Danish time due to the corrections and additional
   information provided in this present eNotice.
   Read:
   III.1.4) Other particular conditions:
   The performance of the contract is subject to particular conditions:
   yes
   Description of particular conditions: The winning tenderers must sign a
   non-disclosure agreement (NDA) with DONG Energy for the performance of
   the contract.
   IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   1.2.2016 (14:00) local Danish time
   VI.3) Additional information:
   Requests for pre-qualification (including attached electronic versions
   of the required information cf. section III: Legal, economic, financial
   and technical information) must be sent by email to the point of
   contact stated in this eNotice.
   Please note: the accepted file formats must be Microsoft Office and
   Adobe pdf compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is
   larger than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject
   field a successive numbering and the total number of emails (No. X of
   Y) must be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a
   zipped file.
   Upon the expiry of the time limit for requests to participate (cf.
   IV.3.4)), DONG Energy will commence to perform the selection of
   pre-qualified suppliers based on the conditions for participation, and
   will only submit the invitation to tender, containing the tender
   conditions and draft contract agreement documents, to applicants who
   have been pre-qualified.
   DONG Energy will award the 2 contracts based on award criteria that are
   stated in the tender documents.
   Other additional information:
   The time limit for requests to participate is extended to 1.2.2016 at
   14:00 local Danish time due to the corrections and additional
   information provided in this present eNotice.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Waffen, Munition und zugehörige Teile - NO-Hamar
Waffen, Munition und zugehörige Teile
Feuerwaffen
Leichtfeuerwaffen
Handfeuerwaffen
Gewehre
Teile von Feuerwaffen und Munition
Teile für Leichtfeuerwaffen
Dokument Nr...: 20973-2016 (ID: 2016012109200659379)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  NO-Hamar: Waffen, Munition und zugehörige Teile
   2016/S 14/2016 20973
   Forsvarsbygg (The Norwegian Defence Estates Agency), 975950662,
   Parkgata 36, Zu Händen von: Christer Rundberget, Hamar 2317, NORWEGEN.
   Telefon: +47 47469276. E-Mail: christer.rundberget@forsvarsbygg.no
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.12.2015, [1]2015/S
   249-456278)
   Betr.:
   CPV:35300000, 35320000, 35321000, 35321100, 35321200, 35340000,
   35341000
   Waffen, Munition und zugehörige Teile
   Feuerwaffen
   Leichtfeuerwaffen
   Handfeuerwaffen
   Gewehre
   Teile von Feuerwaffen und Munition
   Teile für Leichtfeuerwaffen
   Anstatt:
   II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
   ( .
   muss es heißen:
   II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
   It is emphasised that the contract is a framework agreement. Further
   terms on using the framework agreement are stated in the tender
   documents that will be distributed to pre-qualified tenderers.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456278-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016    S14    - - Supplies - Additional information - Restricted
   procedure
   Norway-Hamar: Weapons, ammunition and associated parts
   2016/S 014-020973
   Forsvarsbygg (The Norwegian Defence Estates Agency), 975950662,
   Parkgata 36, For the attention of: Christer Rundberget, Hamar 2317,
   NORWAY. Telephone: +47 47469276. E-mail:
   christer.rundberget@forsvarsbygg.no
   (Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.12.2015,
   [1]2015/S 249-456278)
   RE:
   CPV:35300000, 35320000, 35321000, 35321100, 35321200, 35340000,
   35341000
   Weapons, ammunition and associated parts
   Firearms
   Light firearms
   Hand guns
   Rifles
   Parts of firearms and ammunition
   Parts of light firearms
   Instead of:
   II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
   ( .
   Read:
   II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
   It is emphasised that the contract is a framework agreement. Further
   terms on using the framework agreement are stated in the tender
   documents that will be distributed to pre-qualified tenderers.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Lieferung von Ausrüstung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen - TR-Ankara
Ausrüstung für Physiotherapie
Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
Elektronische Ausstattung
Installation von Physiotherapiegeräten
Dokument Nr...: 21073-2016 (ID: 2016012209010859550)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  TR-Ankara: Lieferung von Ausrüstung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen
   2016/S 15/2016 21073
   Bekanntmachung der Vergabe eines Lieferauftrags
   Standort  Ankara/Türkei
    1.Verfahrensart:
   offen.
    2.Referenznummer der Veröffentlichung und Datum der
   Auftragsbekanntmachung:
   29.4.2015 und EuropeAid/136448/IH/SUP/TR.
    3.Anzahl und Bezeichnung der Lose:
   Los 1: Ausrüstung für Ergotherapie, Bewertungs- und Schulungssysteme.
    4.Auftragsnummer und -wert:
   TRH 4.1. HCTEPE/P-02-1 und 514 000 EUR.
    5.Datum der Auftragsvergabe:
   14.10.2015.
    6.Anzahl der eingegangenen Angebote:
   2.
    7.Name, Anschrift und Nationalität des erfolgreichen Bieters:
   Seha Mühendislik Müavirlik Tic. Ve Makine San. A.., Mebusevleri Ayten
   Sokak 27/2, 06580 Tandoan, Ankara, TÜRKEI.
    8.Auftragsdauer:
   120 Tage.
    9.Öffentlicher Auftraggeber:
   Direktion für die Europäische Union und Finanzhilfen im Ministerium für
   Beschäftigung und soziale Sicherheit, Ankara, TÜRKEI.
    10.Rechtsgrundlage:
   Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17.7.2006 zur Schaffung
   eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA).
OT: 22/01/2016    S15    External aid programmes - Supplies - Contract
   award notice - Open procedure
   Turkey-Ankara: Supply of equipment for increasing employability of
   people with disabilities
   2016/S 015-021073
   Supply contract award notice
   Location  Ankara/Turkey
    1.Type of procedure:
   Open.
    2.Publication reference and date of the contract notice:
   29.4.2015 and EuropeAid/136448/IH/SUP/TR.
    3.Lot number and lot title:
   Lot 1: ergo-therapy equipment, assessment and training systems.
    4.Contract number and value:
   TRH 4.1. HCTEPE/P-02-1 and 514 000 EUR.
    5.Date of award of the contract:
   14.10.2015.
    6.Number of tenders received:
   2.
    7.Name, address and nationality of successful tenderer:
   Seha Mühendislik Müavirlik Tic. Ve Makine San. A.., Mebusevleri Ayten
   Sokak 27/2, 06580 Tandoan, Ankara, TURKEY.
    8.Duration of contract:
   120 days.
    9.Contracting authority:
   Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry
   of Labour and Social Security, Ankara, TURKEY.
    10.Legal basis:
   Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17.7.2006 establishing an
   Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - PL-Stettin
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Straßenmarkierungsarbeiten
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
Aussaat von Baumsamen
Anbringen von Leitplanken
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Bauarbeiten für Abwasserrohre
Kanalisationsarbeiten
Baureifmachung
Installation von Straßenschildern
Oberbauarbeiten für Landstraßen
Bauarbeiten für Abwasserkanäle
Bau von Regenwasserrohrleitungen
Straßenbauarbeiten
Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
Installation von Sicherheitseinrichtungen
Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
Bauarbeiten für Starkstromleitungen
Baureifmachung und Abräumung
Errichtung von Zäunen
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
Bau von Parkplätzen
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Erdbewegungsarbeiten
Dokument Nr...: 21173-2016 (ID: 2016012209020159655)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Stettin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
   2016/S 15/2016 21173
   Mars Most Brdowski Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ul. Ludowa
   13, Kierownik Administracyjny Mars Most Brdowski Sp. z o.o., Zu Händen
   von: Magdalena Jaroszewska, Szczecin 71-700, POLEN. Telefon: +48
   914242713. Fax: +48 914242714. E-Mail:
   magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 4.11.2014, [1]2014/S
   212-374610)
   Betr.:
   CPV:45200000, 45233221, 45231300, 77211600, 45233280, 45112710,
   45232440, 45232410, 45100000, 45233290, 45233220, 45232400, 45232130,
   45233120, 45232310, 45233292, 45316110, 45231400, 45111200, 45342000,
   45233222, 45232000, 45223300, 45234126, 45112500
   Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
   Straßenmarkierungsarbeiten
   Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
   Aussaat von Baumsamen
   Anbringen von Leitplanken
   Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
   Bauarbeiten für Abwasserrohre
   Kanalisationsarbeiten
   Baureifmachung
   Installation von Straßenschildern
   Oberbauarbeiten für Landstraßen
   Bauarbeiten für Abwasserkanäle
   Bau von Regenwasserrohrleitungen
   Straßenbauarbeiten
   Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
   Installation von Sicherheitseinrichtungen
   Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
   Bauarbeiten für Starkstromleitungen
   Baureifmachung und Abräumung
   Errichtung von Zäunen
   Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
   Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
   Bau von Parkplätzen
   Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
   Erdbewegungsarbeiten
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren war erfolglos
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zamawiajcy, dziaajc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z
   29.1.2004  Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013
   r. poz. 907 ze zmianami), który stanowi:
   Art. 93.1. Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie
   zamówienia, jeeli:
   1) nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie
   wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od
   wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;
   uniewania przedmiotowe postpowanie o udzielenie zamówienia
   publicznego.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374610-2014:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016    S15    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje -
   Procedura otwarta
   Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
   obiektów budowlanych lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii
   ldowej i wodnej
   2016/S 015-021173
   Mars Most Brdowski Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ul. Ludowa
   13, Kierownik Administracyjny Mars Most Brdowski Sp. z o.o., Osoba do
   kontaktów: Magdalena Jaroszewska, Szczecin 71-700, POLSKA. Tel.: +48
   914242713. Faks: +48 914242714. E-mail:
   magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 4.11.2014,
   [1]2014/S 212-374610)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:45200000, 45233221, 45231300, 77211600, 45233280, 45112710,
   45232440, 45232410, 45100000, 45233290, 45233220, 45232400, 45232130,
   45233120, 45232310, 45233292, 45316110, 45231400, 45111200, 45342000,
   45233222, 45232000, 45223300, 45234126, 45112500
   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
   lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii ldowej i wodnej
   Malowanie nawierzchi
   Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigów i rurocigów do
   odprowadzania cieków
   Sadzenie drzew
   Wznoszenie barier drogowych
   Roboty w zakresie ksztatowania terenów zielonych
   Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigów do odprowadzania cieków
   Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
   Przygotowanie terenu pod budow
   Instalowanie znaków drogowych
   Roboty w zakresie nawierzchni dróg
   Roboty budowlane w zakresie kanaów ciekowych
   Roboty budowlane w zakresie rurocigów do odprowadzania wody burzowej
   Roboty w zakresie budowy dróg
   Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
   Instalowanie urzdze ochronnych
   Instalowanie urzdze owietlenia drogowego
   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
   Wznoszenie ogrodze
   Roboty budowlane w zakresie ukadania chodników i asfaltowania
   Roboty pomocnicze w zakresie rurocigów i kabli
   Roboty budowlane w zakresie parkingów
   Roboty zwizane z liniami tramwajowymi
   Usuwanie gleby
   Procedury niepenej
   Postpowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
   Inne dodatkowe informacje
   Zamawiajcy, dziaajc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z
   29.1.2004  Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013
   r. poz. 907 ze zmianami), który stanowi:
   Art. 93.1. Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie
   zamówienia, jeeli:
   1) nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie
   wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od
   wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;
   uniewania przedmiotowe postpowanie o udzielenie zamówienia
   publicznego.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - PL-Danzig
Bauarbeiten
Baureifmachung und Abräumung
Sanitäre Anlagen
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Installation von elektrischen Leitungen
Dokument Nr...: 21273-2016 (ID: 2016012209030659750)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Danzig: Bauarbeiten
   2016/S 15/2016 21273
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Przedsibiorstwo Produkcyjno  Handlowe POLGRAVEL Spóka z o.o.
   al. Grunwaldzka 521
   Zu Händen von: Bohdan Aleksandrowicz
   80-320 Gdask
   POLEN
   Telefon: +48 585220321
   E-Mail: [4]polgravel@polgravel.pl
   Fax: +48 585220319
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.polgravel.pl/
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000, 45111200, 45232460, 45230000, 45310000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   Baureifmachung und Abräumung.
   Sanitäre Anlagen.
   Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
   Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
   Installation von elektrischen Leitungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   2.3.2016 - 15:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Alle Amtssprachen der EU
References
   4. mailto:polgravel@polgravel.pl?subject=TED
   5. http://www.polgravel.pl/
OT: 22/01/2016    S15    - - Roboty budowlane - Ogoszenie o zamówieniu -
   Procedura otwarta
   Polska-Gdask: Roboty budowlane
   2016/S 015-021273
   Ogoszenie o zamówieniu
   Roboty budowlane
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Przedsibiorstwo Produkcyjno  Handlowe POLGRAVEL Spóka z o.o.
   al. Grunwaldzka 521
   Osoba do kontaktów: Bohdan Aleksandrowicz
   80-320 Gdask
   POLSKA
   Tel.: +48 585220321
   E-mail: [6]polgravel@polgravel.pl
   Faks: +48 585220319
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.polgravel.pl/
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: firma prywatna
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: kruszywa budowlane, betony, elementy cienne i fundamentowe itp.
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Prace budowlane i sanitarne niezbdne do montau urzdze
   technologicznych i prace elektryczne.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Roboty budowlane
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Borowiec; 80-209 Chwaszczyno,
   Gm. ukowo, Pow. Kartuzy.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Prac budowlanych i sanitarnych niezbdnych do montau urzdze
   technologicznych
   Kolejno realizacji prac:
   1. Mikroniwelacja terenu,
   2. Wykonanie fundamentów elbetowych pod mieszarki planetarne (o
   pojemnoci 2 250 i 500 litrów),
   3. Wykonanie fundamentów elbetowych pod silosy na cement,
   4. Wykonanie fundamentów elbetowych pod stacj recyklingu masy
   betonowej,
   5. Wykonanie fundamentów pod zbiornik (zasiek) na kruszywo,
   6. Wykonanie kanalizacji deszczowej,
   7. Wykonanie wodocigów,
   8. Wykonanie zbiornika wody technologicznej i przeciwpoarowej
   (objtoci 110 m^3),
   9. Wykonanie zasieku na wstpne przyjcie kruszywa.
   Prace elektryczne (zakup i monta instalacji elektrycznej).
   W skad ww. prac wchodz nastpujce elementy:
   a) Przestawienie i przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630
   kVA,
   b) Roboty kablowe  przeoenie i podczenie kabli do nowej rozdz. NN
   stacji transformatorowej,
   c) Roboty kablowe  zasilenie istn. Rozdzielni NN mieszarek,
   d) Roboty kablowe  zasilenie proj. Rozdzielni mieszarek,
   e) Roboty kablowe  zasilenie proj. Hali,
   f) Monta rozdzielni proj. Hali.
   Przedmiary robót elektrycznych oraz robót budowlanych i sanitarnych
   niezbdnych do montau urzdze technologicznych stanowi zacznik do
   niniejszego zapytania ofertowego i zostay zamieszczone na stronie
   internetowej [8]www.polgravel.pl
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   45000000, 45111200, 45232460, 45230000, 45310000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Podmiot powinien znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
   zapewniajcej wykonanie zamówienia.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
   Opis szczególnych warunków: Pomidzy wykonawc, a zamawiajcym tj.
   Przedsibiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLGRAVEL Sp. z
   o.o. nie mog zachodzi powizania kapitaowe oraz osobowe.
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Pomidzy wykonawc, a zamawiajcym tj. Przedsibiorstwem
   Produkcyjno-Handlowym POLGRAVEL Sp. z
   o.o. nie mog zachodzi powizania kapitaowe oraz osobowe.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Podmiot musi znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
   zapewniajcej wykonanie zamówienia.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena. Waga 80
   2. Gwarancja (podana w miesicach). Waga 10
   3. Czas realizacji zamówienia (podany w miesicach). Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   2.3.2016 - 15:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   Dowolny jzyk urzdowy UE
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   Okres w miesicach: 4 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: tak
   Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
   3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
   VI.3)Informacje dodatkowe
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Installation von kältetechnischen Anlagen - DE-München
Installation von kältetechnischen Anlagen
Dokument Nr...: 21373-2016 (ID: 2016012209035059845)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  DE-München: Installation von kältetechnischen Anlagen
   2016/S 15/2016 21373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Messe München GmbH
   Messegelände
   Kontaktstelle(n): Messe München GmbH
   Zu Händen von: Frau Krusche
   81823 München
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8994921025
   E-Mail: [6]neubau@messe-muenchen.de
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://messe-muenchen.de
   Adresse des Beschafferprofils: [8]http://staatsanzeiger-eservices.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Messegesellschaft
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Sonstige: Siehe nachstehend VI.2)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Neubau Messehallen C5/C6  450 742  Kältetechn. Anlagen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   81829 München, Paul-Henri-Spaak-Str. 12.
   NUTS-Code DE,DE212
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Neubau von 2 Ausstellungshallen (C5/C6).
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45331231
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 2 625 275,35 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   C5/C6
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 119-216411 vom 24.6.2015
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2015/S 174-315943 vom 9.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 450 742 Bezeichnung: Kältetechn. Anlagen
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   15.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SMB Industrieanlagenbau GmbH
   8075 Hart bei Graz
   ÖSTERREICH
   Fax: +43 3164919006290
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 150 624 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 625 275,35 EUR
   ohne MwSt
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
   Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
   unbekannt
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Die Messe München GmbH ist kein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des
   § 98 GWB und wendet freiwillig folgende Vergabevorschriften an: vierter
   Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
   Vergabeverordnung (VgV) sowie zweiter Abschnitt der VOB/A.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   19.1.2016
References
   6. mailto:neubau@messe-muenchen.de?subject=TED
   7. http://messe-muenchen.de/
   8. http://staatsanzeiger-eservices.de/
   9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216411-2015:TEXT:DE:HTML
  10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315943-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke - PL-Danzig
Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
Dokument Nr...: 21473-2016 (ID: 2016012209045259946)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Danzig: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
   2016/S 15/2016 21473
   DCT Gdask S.A., Kontenerowa 7, Zu Händen von: Cezary Osipuk, Gdask
   80-601, POLEN. Telefon: +48 587379167. E-Mail: tenders@dctgdansk.com
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.1.2016, [1]2016/S
   012-016687)
   Betr.:
   CPV:34144000
   Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:016687-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016    S15    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Gdask: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
   2016/S 015-021473
   DCT Gdask S.A., Kontenerowa 7, Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk,
   Gdask 80-601, POLSKA. Tel.: +48 587379167. E-mail:
   tenders@dctgdansk.com
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 19.1.2016,
   [1]2016/S 012-016687)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:34144000
   Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
   Procedury niepenej
   Postpowanie o udzielenie zamówienia zostao przerwane
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Süßes Gebäck - FR-Villejuif
Süßes Gebäck
Zwieback und Kekse; haltbares Gebäck und Kuchen
Zucker und zugehörige Erzeugnisse
Suppen
Dokument Nr...: 21573-2016 (ID: 2016012209054460040)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  FR-Villejuif: Süßes Gebäck
   2016/S 15/2016 21573
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Semgest
   6 rue du 12 février
   Zu Händen von: Haye Marie-Noëlle
   94800 Villejuif
   FRANKREICH
   Telefon: +33 149583060
   E-Mail: [4]marie-noelle.haye@semgest.fr
   Fax: +33 149583069
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://lesgourmands.org
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15821200, 15820000, 15830000, 15891400
   Beschreibung
   Süßes Gebäck.
   Zwieback und Kekse; haltbares Gebäck und Kuchen.
   Zucker und zugehörige Erzeugnisse.
   Suppen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 12.2.2016 - 17:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:marie-noelle.haye@semgest.fr?subject=TED
   5. http://lesgourmands.org/
OT: 22/01/2016    S15    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Villejuif: Biscuits sucrés
   2016/S 015-021573
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Semgest
   6 rue du 12 février
   À l'attention de: Haye Marie-Noëlle
   94800 Villejuif
   FRANCE
   Téléphone: +33 149583060
   E-mail: [6]marie-noelle.haye@semgest.fr
   Fax: +33 149583069
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://lesgourmands.org
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: Entreprise publique locale
   I.3)Activité principale
   Autre: Restauration collective et agence événementielle
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Fourniture de produits d'épicerie
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: 6 rue du 12 Février  94800 Villejuif.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La fourniture de produits épicerie:
    biscuits,
    confitures, miel, pâte à tartiner,
    compotes,
    potages, etc...
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   15821200, 15820000, 15830000, 15891400
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Valeur estimée hors TVA:
   fourchette: entre 90 000 et 100 000 EUR
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Valeur technique. Pondération 30
   2. Moyens techniques et humains. Pondération 10
   3. Conditions financières. Pondération 60
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
   aux documents: 12.2.2016 - 17:00
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   15.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   Durée en mois: 29 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Wartung von Informationstechnologiesoftware - FR-Nancy
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Dokument Nr...: 21673-2016 (ID: 2016012209065960136)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  FR-Nancy: Wartung von Informationstechnologiesoftware
   2016/S 15/2016 21673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Communauté urbaine du Grand Nancy
   22/24 viaduc Kennedy, CO n° 80036
   Zu Händen von: M. le président
   54035 Nancy Cedex
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72267100
   Beschreibung
   Wartung von Informationstechnologiesoftware.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Them-Is
   13/15 boulevard Joffre  bâtiment B
   54000 Nancy
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 159 301 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
OT: 22/01/2016    S15    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Nancy: Maintenance de logiciels de technologies de l'information
   2016/S 015-021673
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Communauté urbaine du Grand Nancy
   22/24 viaduc Kennedy, CO n° 80036
   À l'attention de: M. le président
   54035 Nancy Cedex
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture de licences, maintenance, prestations d'assistance et de
   formation LOTUS.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS FR411
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché concerne la fourniture et la maintenance de logiciels
   de messagerie et outils connexes, les formations et les prestations de
   services qui y sont associées, pour le service de messagerie
   électronique du Grand Nancy, dont le contenu est décrit dans le CCTP.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   72267100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestations. Pondération 40
   2. Valeur technique sur la base du mémoire technique. Pondération 50
   3. Délai d'exécution (livraison). Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015-CU-F063
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 192-347148 du 3.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Le présent marché concerne la fourniture et la maintenance de
   logiciels de messagerie et outils connexes, les formations et les
   prestations de services qui y sont associées, pour le service de
   messagerie électronique du Grand Nancy, dont le contenu est décrit dans
   le CCTP
   V.1)Date d'attribution du marché:
   14.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Them-Is
   13/15 boulevard Joffre  bâtiment B
   54000 Nancy
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 159 301 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Le marché est attribué pour un montant de 159301 EUR (TTC) et
   s'exécutera à bons de commande pour un montant minimum annuel de 25 000
   EUR HT et un montant maximum annuel de 150 000 EUR (HT).
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-148785, mise en ligne le 30.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Voies et
   délais des recours dont dispose le candidat:
    référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code
   de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la
   signature du contrat,
    référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
   pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
    recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et
   pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la
   conclusion du contrat est rendue publique,
    recours contre une décision administrative prévu aux articles R.
   421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant
   la notification ou publication de la décision de l'organisme.
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur- und Wartungsdienste - SI-Krko
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
Reparatur und Wartung von Maschinen
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Wartung von Aufzugsanlagen
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 2173-2016 (ID: 2016010509120539515)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
  SI-Krko: Reparatur- und Wartungsdienste
   2016/S 2/2016 2173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   Kontaktstelle(n): Nabava
   Zu Händen von: Andrijana kvorc
   SI-8270 Krko
   SLOWENIEN
   Telefon: +386 74802736
   E-Mail: [4]andrijana.skvorc@nek.si
   Fax: +386 74921528
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71300000
   Beschreibung
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und
   Maschinen.
   Reparatur und Wartung von Maschinen.
   Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden.
   Wartung von Aufzugsanlagen.
   Dienstleistungen von Ingenieurbüros.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 524 982,60 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 3152406
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   NUMIP d.o.o.
   Cvetkova ulica 27
   SI-1000 Ljubljana
   SLOWENIEN
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 553 177,28 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 524 982,60 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:andrijana.skvorc@nek.si?subject=TED
OT: 05/01/2016    S2    - - Storitve - Obvestilo o oddaji naroila -
   Postopek s pogajanji
   Slovenija-Krko: Storitve popravila in vzdrevanja
   2016/S 002-002173
   Obvestilo o oddaji naroila  gospodarske javne slube
   Direktiva 2004/17/ES
   Oddelek I: Naronik
   I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   Kontaktne toke: Nabava
   V roke: Andrijana kvorc
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   Telefon: +386 74802736
   E-pota: [6]andrijana.skvorc@nek.si
   Telefaks: +386 74921528
   I.2)Glavna podroja dejavnosti
   Elektrina energija
   I.3)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
   Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
   Oddelek II: Predmet naroila
   II.1)Opis
   II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik
   Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema,
   cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave in
   cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL.
   II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
   Storitve
   t. kategorije storitev 1: Storitve vzdrevanja in popravljanja
   II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinaminem nabavnem sistemu
   II.1.4)Kratek opis naroila ali nabave:
   Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema,
   cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave in
   cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL.
   II.1.5)Enotni besednjak javnih naroil
   50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71300000
   II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
   II.2)Skupna konna vrednost naroil
   II.2.1)Skupna konna vrednost naroil
   Vrednost: 1 524 982,60 EUR
   Brez DDV
   Oddelek IV: Postopek
   IV.1)Vrsta postopka
   IV.1.1)Vrsta postopka
   Postopek s pogajanji po predhodni objavi
   IV.2)Merila za izbiro ponudbe
   IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
   Najnija cena
   IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
   Uporabljena bo elektronska draba: ne
   IV.3)Upravne informacije
   IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik:
   101/15
   IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
   Obvestilo o naroilu
   tevilka obvestila v UL: [7]2015/S 192-348775 z dne 3.10.2015
   Oddelek V: Oddaja naroila
   V.1)Oddaja in vrednost naroila
   t. naroila: 3152406
   Naziv: Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC
   oprema, cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave
   in cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL
   V.1.1)Datum oddaje naroila:
   29.12.2015
   V.1.2)Informacije o ponudbah
   V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo
   oddano
   NUMIP d.o.o.
   Cvetkova ulica 27
   SI-1000 Ljubljana
   SLOVENIJA
   V.1.4)Informacije o vrednosti naroila
   Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
   Vrednost: 1 553 177,28 EUR
   Brez DDV
   Skupna konna vrednost naroila:
   Vrednost: 1 524 982,60 EUR
   Brez DDV
   V.1.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
   Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
   V.1.6)Plaana cena za ugodne nakupe
   Oddelek VI: Dopolnilne informacije
   VI.1)Informacije o sredstvih EU
   Naroilo se nanaa na projekt in/ali program, ki se financira s
   sredstvi EU: ne
   VI.2)Dodatne informacije:
   VI.3)Pritobeni postopki
   VI.3.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   VI.3.2)Vloitev pritob
   VI.3.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
   NEK d.o.o.
   Vrbina 12
   SI-8270 Krko
   SLOVENIJA
   VI.4)Datum poiljanja tega obvestila:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Segelboote - FR-Toulon
Segelboote
Dokument Nr...: 21773-2016 (ID: 2016012209080160244)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  FR-Toulon: Segelboote
   2016/S 15/2016 21773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE
   13001537300017
   BCRM Toulon, BP 42
   Zu Händen von: Mme le Rousseau Severine
   83800 Toulon Cedex 9
   FRANKREICH
   Telefon: +33 422427336
   E-Mail: [4]section2.bap@gmail.com
   Fax: +33 422436161
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34522100
   Beschreibung
   Segelboote.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2014 010 2015 040
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   euro-voiles
   2315 avenue de l'Aéroport
   83400 Hyères
   Telefon: +33 494125242
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 98 017,15 EUR
References
   4. mailto:section2.bap@gmail.com?subject=TED
   5. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 22/01/2016    S15    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Toulon: Bateaux à voile
   2016/S 015-021773
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE
   13001537300017
   BCRM Toulon, BP 42
   À l'attention de: Mme le Rousseau Severine
   83800 Toulon Cedex 9
   FRANCE
   Téléphone: +33 422427336
   E-mail: [6]section2.bap@gmail.com
   Fax: +33 422436161
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Accès électronique à l'information:
   [9]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   Mme la directrice du Cercle de la base de défense de Toulon
   BCRM Toulon, Cedex 9 BP 151
   83800 Toulon
   FRANCE
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture d'un voilier de course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC 4
   et ses équipements au profit du club nautique de la marine à Toulon.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture d'un voilier de course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC 4
   et ses équipements au profit du club nautique de la marine à Toulon.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   34522100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 50
   2. Prix. Pondération 40
   3. Délais. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   83-140098
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [11]2014/S 238-418582 du 10.12.2014
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2014 010 2015 040 Intitulé: Fourniture d'un voilier de
   course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC classe 4 et ses équipements au
   profit du club nautique de la marine à Toulon
   V.1)Date d'attribution du marché:
   13.3.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   euro-voiles
   2315 avenue de l'Aéroport
   83400 Hyères
   Téléphone: +33 494125242
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 98 017,15 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial paru au BOAMP, parution nº: 236 B, annonce
   nº 305 du 9.12.2014.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Toulon
   5 rue Racine, BP 40510
   83000 Toulon
   E-mail: [12]greffe.ta-toulon@juradm.com
   Téléphone: +33 494427930
   Fax: +33 494427989
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE cellule juridique
   BRCM Toulon, BP 42
   83800 Toulon Cedex 9
   E-mail: [13]section2.bap@gmail.com
   Téléphone: +33 422435978
   Fax: +33 422435977
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittel - DE-Hannover
Arzneimittel
Dokument Nr...: 21873-2016 (ID: 2016012209085060343)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  DE-Hannover: Arzneimittel
   2016/S 15/2016 21873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Klinikum Region Hannover GmbH
   Constantinstraße 40
   Kontaktstelle(n): Einkauf  Zentrale Vergabestelle
   Zu Händen von: Petra Freund
   30177 Hannover
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 5119067752
   E-Mail: [6]zentrale.vergabestelle@krh.eu
   Fax: +49 5119067782
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.krh.eu
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [8]https://prego-vergabeplattform.prhos.com
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [9]https://prego-vergabeplattform.prhos.com
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: öffentliches Unternehmen
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: ja
   Vivantes  Netzwerk für Gesundheit GmbH
   Aroser Allee 72-76
   13407 Berlin
   DEUTSCHLAND
   Unfallkrankenhaus Berlin
   Warener Str. 7
   12683 Berlin
   DEUTSCHLAND
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Rahmenvertrag  Antiinfektiva.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: KRH
   GmbH:, KRH Zentralapotheke, Roesebeckstraße 15, 30449 Hannover, ,
   Vivantes GmbH:, Apotheke des Vivantes Humboldt-Klinikums, Am Nordgraben
   2, 13509 Berlin, Apotheke im Vivantes Klinikum Neukölln, Rudower Straße
   48, 12351 Berlin, ukb e. V.:, Zentralapotheke, Warener Straße 7, 12683
   Berlin.
   NUTS-Code DE3,DE929
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Die Vivantes GmbH, die KRH GmbH und das Unfallkrankenhaus Berlin,
   schreiben ihren Bedarf an den Fertigarzneimitteln Meropenem 500 mg,
   Meropenem 1 g und Piperacillin/Tazobactam 4,5 g Durchstechflaschen
   gemeinsam aus.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33600000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   KRH-2015-0011
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2015/S 212-384685 vom 31.10.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1.1 Los-Nr: 1 - Bezeichnung: Meropenem
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
   Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Fresenius Kabi Deutschland GmbH
   Else-Kröner-Str. 1
   61352 Bad Homburg
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [11]kirsten.peymann-peter@fresenius-kabi.com
   Telefon: +49 6172686-8152
   Fax: +49 6172686-2517
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 4
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
   Auf der Hude 2
   21339 Lüneburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4137752943
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
   Auf der Hude 2
   21339 Lüneburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 41311513341335
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   18.1.2016
References
   6. mailto:zentrale.vergabestelle@krh.eu?subject=TED
   7. http://www.krh.eu/
   8. https://prego-vergabeplattform.prhos.com/
   9. https://prego-vergabeplattform.prhos.com/
  10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384685-2015:TEXT:DE:HTML
  11. mailto:kirsten.peymann-peter@fresenius-kabi.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Herzschrittmacher - CZ-Ostrava
Herzschrittmacher
Dokument Nr...: 21973-2016 (ID: 2016012209102060444)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  CZ-Ostrava: Herzschrittmacher
   2016/S 15/2016 21973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
   00635162
   Nemocniní 898/20A
   Kontaktstelle(n): Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
   Zu Händen von: Ing. Jana Vlková
   728 80 Ostrava
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 596192289
   E-Mail: [4]jana.vlckova@mnof.cz
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.mnof.cz
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33182210
   Beschreibung
   Herzschrittmacher.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 9 544 565,22 CZK
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Boston Scientific eská republika s.r.o.
   Doudlebská 1699/5
   140 00 Praha 4
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 373 913 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 774 400 CZK
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Perfect Distribution a.s.
   U Spalovny 4582/17
   796 01 Prostjov
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 549 782,61 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 012 710 CZK
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medtronic Czechia s.r.o.
   Prosecká 852/66
   190 00 Praha 9
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 540 260,87 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 171 886 CZK
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Perfect Distribution a.s.
   U Spalovny 4582/17
   796 01 Prostjov
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 080 608,70 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 433 950 CZK
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:jana.vlckova@mnof.cz?subject=TED
   5. http://www.mnof.cz/
   6. http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
OT: 22/01/2016    S15    - - Dodávky - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
   ízení
   eská republika-Ostrava: Kardiostimulátor
   2016/S 015-021973
   Oznámení o zadání zakázky
   Dodávky
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
   00635162
   Nemocniní 898/20A
   Kontaktní místo: Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
   K rukám: Ing. Jana Vlková
   728 80 Ostrava
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 596192289
   E-mail: [6]jana.vlckova@mnof.cz
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.mnof.cz
   Adresa profilu kupujícího:
   [8]http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Regionální i místní úad/agentura
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   Zdravotnictví
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce
   Dodávky kardiostimulátor vetn písluenství.
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Dodávky
   Koup
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
   Sídlo zadavatele  Ostrava.
   Kód NUTS CZ080
   II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
   (DNS)
   II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
   Pedmtem veejné zakázky jsou prbné dodávky speciálních
   zdravotnických prostedk a to konkrétn kardiostimulátor potebných
   pi léb pacient s poruchou srdeního rytmu na oddlení Kardiologie,
   a to po dobu 1 roku.
   II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   33182210
   II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
   II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   Hodnota: 9 544 565,22 CZK
   Bez DPH
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska
   1. Celková nabídková cena pro danou ást, v CZK vetn DPH. Váha 80
   2. Poskytovaná délka záruky za jakost. Váha 10
   3. Garantovaná doba nástupu technické podpory. Váha 10
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Byla pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
   VZ/41/2015
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   Oznámení pedbných informací
   íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 095-171976 ze dne 19.5.2015
   Oddíl V: Zadání zakázky
   ást zakázky .: 1 - Název: Kardiostimulátory tídy I
   V.1)Datum zadání zakázky:
   28.12.2015
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 3
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   Boston Scientific eská republika s.r.o.
   Doudlebská 1699/5
   140 00 Praha 4
   ESKÁ REPUBLIKA
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 1 373 913 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 774 400 CZK
   Bez DPH
   Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
   poet rok: 1
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
   ást zakázky .: 2 - Název: Kardiostimulátory tídy II
   V.1)Datum zadání zakázky:
   28.12.2015
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 3
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   Perfect Distribution a.s.
   U Spalovny 4582/17
   796 01 Prostjov
   ESKÁ REPUBLIKA
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 549 782,61 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 012 710 CZK
   Bez DPH
   Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
   poet rok: 1
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
   ást zakázky .: 3 - Název: Kardiostimulátory tídy III
   V.1)Datum zadání zakázky:
   15.1.2016
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 2
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   Medtronic Czechia s.r.o.
   Prosecká 852/66
   190 00 Praha 9
   ESKÁ REPUBLIKA
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 540 260,87 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 171 886 CZK
   Bez DPH
   Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
   poet rok: 1
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
   ást zakázky .: 4 - Název: Kardiostimulátory tídy IV
   V.1)Datum zadání zakázky:
   28.12.2015
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 1
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   Perfect Distribution a.s.
   U Spalovny 4582/17
   796 01 Prostjov
   ESKÁ REPUBLIKA
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 3 080 608,70 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 433 950 CZK
   Bez DPH
   Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
   poet rok: 1
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   VI.3)Odvolací ízení
   VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [10]posta@compet.cz
   VI.3.2)Podání odvolání
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [11]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros - FR-Sarzeau
Dienstleistungen von Architekturbüros
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dienstleistungen im Sport
Dokument Nr...: 22073-2016 (ID: 2016012209114760548)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  FR-Sarzeau: Dienstleistungen von Architekturbüros
   2016/S 15/2016 22073
   Communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 37 rue Iluric, parc
   d'activités de Kerollaire, Zu Händen von: M. le président, Sarzeau
   56370, FRANKREICH
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 20.1.2016, [1]2016/S
   013-019297)
   Betr.:
   CPV:71200000, 71300000, 92600000
   Dienstleistungen von Architekturbüros
   Dienstleistungen von Ingenieurbüros
   Dienstleistungen im Sport
   Anstatt:
   IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
   participation:
   15.2.2016 (12:00)
   muss es heißen:
   IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
   participation:
   19.2.2016 (12:00)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   16-7089, mise en ligne le 18.1.2016.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019297-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016    S15    - - Services - Informations complémentaires -
   Procédure restreinte
   France-Sarzeau: Services d'architecture
   2016/S 015-022073
   Communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 37 rue Iluric, parc
   d'activités de Kerollaire, À l'attention de: M. le président, Sarzeau
   56370, FRANCE
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 20.1.2016,
   [1]2016/S 013-019297)
   Objet:
   CPV:71200000, 71300000, 92600000
   Services d'architecture
   Services d'ingénierie
   Services sportifs
   Au lieu de:
   IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
   participation:
   15.2.2016 (12:00)
   Lire:
   IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
   participation:
   19.2.2016 (12:00)
   Autres informations complémentaires
   Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres
   correspondant.
   Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier
   d'appel d'offres correspondant.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   16-7089, mise en ligne le 18.1.2016.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Industrielle Maschinen - CZ-enov u Nového Jiína
Industrielle Maschinen
Installation (außer Software)
Dokument Nr...: 22173-2016 (ID: 2016012209124560649)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  CZ-enov u Nového Jiína: Industrielle Maschinen
   2016/S 15/2016 22173
   Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   VOP CZ, s.p.
   00000493
   Dukelská 102
   Kontaktstelle(n): Dukelská 102
   Zu Händen von: Mgr. Bronislav Barto
   742 42 enov u Nového Jiína
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 556783224
   E-Mail: [3]verejne.zakazky@vop.cz
   Fax: +420 556701734
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.vop.cz
   Adresse des Beschafferprofils: [5]https://verejnezakazky.vop.cz
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   42000000, 51000000
   Beschreibung
   Industrielle Maschinen .
   Installation (außer Software) .
References
   3. mailto:verejne.zakazky@vop.cz?subject=TED
   4. http://www.vop.cz/
   5. https://verejnezakazky.vop.cz/
OT: 22/01/2016    S15    - - Sluby - Pedbné oznámení bez výzvy k úasti
   v souti - Nehodící se
   eská republika-enov u Nového Jiína: Prmyslové stroje
   2016/S 015-022173
   Oznámení pedbných informací
   Sluby
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   VOP CZ, s.p.
   00000493
   Dukelská 102
   Kontaktní místo: Dukelská 102
   K rukám: Mgr. Bronislav Barto
   742 42 enov u Nového Jiína
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 556783224
   E-mail: [5]verejne.zakazky@vop.cz
   Fax: +420 556701734
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [6]http://www.vop.cz
   Adresa profilu kupujícího: [7]https://verejnezakazky.vop.cz
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Jiný: státní podnik
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   Obrana
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II.B: Pedmt zakázky (Dodávky nebo sluby)
   II.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
   Opravy vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
   II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnní
   Kategorie slueb . 1: Údrbáské a opraváské sluby
   enov u Nového Jiína.
   Kód NUTS CZ080
   II.3)Informace o rámcové smlouv
   Oznámení se týká uzavení rámcové smlouvy: ne
   II.4)Struný popis pedmtu a rozsahu i hodnoty dodávek nebo slueb:
   Pedmtem veejné zakázky jsou opravy vertikálních CNC obrábcích
   stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
   ásti zakázky
   Rozdlení zakázky na ásti: ne
   II.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   42000000, 51000000
   II.6)Pedpokládané datum zahájení zadávacího ízení
   II.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
   II.8)Dalí informace:
   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
   III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
   na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   III.2)Podmínky úasti
   III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Opravy
   vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
   Popis pedmtu veejné zakázky. Pedmtem veejné zakázky jsou opravy
   vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
   Popis vzájemného vztahu pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele.
   Opravy jsou nutné pro zajitní kotinuální výroby v naem podniku.
   Pedpokládaný termín naplnní veejné zakázky: kvtenprosinec 2016.
   VI.3)Informace o obecném právním rámci
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Hilfe - ES-Elche
Technische Hilfe
Dokument Nr...: 22273-2016 (ID: 2016012209133760747)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  ES-Elche: Technische Hilfe
   2016/S 15/2016 22273
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.
   pl. de La Lonja, nº 1
   Zu Händen von: Esperanza Martinez Guillo
   03202 Elche
   SPANIEN
   Telefon: +34 966613691
   E-Mail: [4]emartinezg@hidraqua.es
   Fax: +34 965453339
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.aigueselx.es
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71356200
   Beschreibung
   Technische Hilfe.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   11.3.2016 - 13:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:emartinezg@hidraqua.es?subject=TED
   5. http://www.aigueselx.es/
OT: 22/01/2016    S15    - - Servicios - Anuncio de licitación -
   Procedimiento abierto
   España-Elche: Servicios de asistencia técnica
   2016/S 015-022273
   Anuncio de licitación
   Servicios
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.
   pl. de La Lonja, nº 1
   A la atención de: Esperanza Martinez Guillo
   03202 Elche
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 966613691
   Correo electrónico: [6]emartinezg@hidraqua.es
   Fax: +34 965453339
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.aigueselx.es
   Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
   arriba
   El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
   los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
   dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto
   mencionados arriba
   Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos
   de contacto mencionados arriba
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Otros: empresa mixta
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Otros: ciclo integral del agua
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
   Servicio de coordinación y asistencia técnica en prevención de riesgos
   laborales para obras y actividades de mantenimiento de Aigües d'Elx.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Servicios
   Código NUTS
   II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
   sistema dinámico de adquisición
   II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
   II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Servicio de coordinación y asistencia técnica en prevención de riesgos
   laborales para obras y actividades de mantenimiento de Aigües d'Elx.
   II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   71356200
   II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   II.1.8)Lotes
   El contrato está dividido en lotes: no
   II.1.9)Información sobre las variantes
   II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
   II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
   431 478,33.
   Valor estimado IVA excluido: 89 148,41 EUR
   II.2.2)Información sobre las opciones
   Opciones: no
   II.2.3)Información sobre las renovaciones
   Este contrato podrá ser renovado: sí
   Número de renovaciones posibles: 3
   En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo
   estimado para los contratos posteriores:
   en meses: 36 (a partir de la adjudicación del contrato)
   II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
   Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)
   Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
   técnico
   III.1)Condiciones relativas al contrato
   III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
   III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
   referencia a las disposiciones que las regulan:
   III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
   económicos adjudicataria del contrato:
   III.1.4)Otras condiciones particulares
   III.2)Condiciones de participación
   III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
   exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
   mercantil
   III.2.2)Capacidad económica y financiera
   III.2.3)Capacidad técnica
   III.2.4)Información sobre contratos reservados
   III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
   III.3.1)Información sobre una profesión concreta
   III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
   licitar o participar
   IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
   diálogo
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
   que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a
   negociar o en el documento descriptivo
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente:
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
   documentación complementaria o del documento descriptivo
   IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
   participación
   11.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
   invitaciones a licitar o a participar
   IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
   solicitudes de participación
   IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
   mantener su oferta
   IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre la periodicidad
   VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.3)Información adicional
   VI.4)Procedimientos de recurso
   VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.4.2)Presentación de recursos
   VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - PL-Warschau
Reinigungsdienste
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
Fensterreinigung
Reinigung von Telefongeräten
Entleerung von Abfallbehältern
Büroreinigung
Dokument Nr...: 22373-2016 (ID: 2016012209145160847)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Warschau: Reinigungsdienste
   2016/S 15/2016 22373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   al. J.Ch. Szucha 23
   Zu Händen von: Boena Chudy, Joanna Górzyska
   00-580 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 225239910
   E-Mail: [4]bzp@msz.gov.pl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.msz.gov.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
   Beschreibung
   Reinigungsdienste.
   Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung.
   Fensterreinigung.
   Reinigung von Telefongeräten.
   Entleerung von Abfallbehältern.
   Büroreinigung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:bzp@msz.gov.pl?subject=TED
   5. http://www.msz.gov.pl/
OT: 22/01/2016    S15    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi sprztania
   2016/S 015-022373
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   al. J.Ch. Szucha 23
   Osoba do kontaktów: Boena Chudy, Joanna Górzyska
   00-580 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 225239910
   E-mail: [6]bzp@msz.gov.pl
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.msz.gov.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
   regionalne i lokalne
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem okien.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 14: Usugi sprztania budynków i usugi zarzdzania
   mieniem
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Obiekty Ministerstwa Spraw Zagranicznych
   w Warszawie przy: al. Szucha 23 (gmach gówny), al. Szucha 23 (budynek
   biurowo-garaowy), ul. Litewskiej 2/4, al. Szucha 21, al. Szucha 16,
   ul. Miodowej 10, ul. Kruczej 38/42, ul. Krywulta 2, ul. Tanecznej 67A,
   ul. Tanecznej 67B, ul. Tanecznej 73, ul. Tanecznej 18C, ul.
   Karmazynowej 1A, ul. Bagatela 5.
   Kod NUTS PL127
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprztanie pomieszcze w
   obiektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie wraz z myciem
   okien. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na czci. Przedmiot
   zamówienia w odniesieniu do poszczególnych czci obejmuje:
    Cz I  wykonywanie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze w
   obiektach MSZ w Warszawie (budynki biurowe uytecznoci publicznej) o
   cznej powierzchni 31 346,19 m^2 wraz z doranym myciem okien,
   wyposaaniem toalet w rodki czystoci i higieny oraz wyposaaniem w
   baterie automatycznych odwieaczy powietrza i koszy na mieci;
    Cz II  wykonywanie usugi mycia okien i innych powierzchni
   szklanych, w tym wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub
   innych, w obiektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
   obejmujce mycie jednostronne oraz dwustronne powierzchni szklanych
   wraz z kratami, aluzjami zewntrznymi i wewntrznymi, parapetami
   zewntrznymi, ramami i siatkami okiennymi o cakowitej powierzchni 15
   121,16 m^2.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: tak
   Oferty mona skada w odniesieniu do wszystkich czci
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: tak
   Prosz poda opis takich opcji: 1. Zamawiajcy zastrzega sobie
   moliwo skorzystania z prawa opcji, tj. zmniejszenia zakresu
   przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie iloci metrau cakowitej
   sprztanej powierzchni,
   z zastrzeeniem, e metra ten po dokonaniu zmniejszenia nie bdzie
   mniejszy ni 85 % metrau maksymalnego (31 346,19 m^2). W przypadku
   skorzystania z prawa opcji, zmniejszeniu ulegnie liczba pracowników o
   liczb osób przewidzianych do realizacji usugi w lokalizacjach
   podlegajcych zmniejszeniu. Powysze dotyczy Czci I Zamówienia.
   2. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo skorzystania z prawa opcji,
   tj. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie iloci
   metrau mytej powierzchni okien i innych powierzchni szklanych, w tym
   wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub innych, z
   zastrzeeniem, e metra ten po dokonaniu zmniejszenia nie bdzie
   mniejszy ni 90 % metrau maksymalnego (15 121,16 m^2). Powysze
   dotyczy Czci II Zamówienia.
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
   Informacje o czciach zamówienia
   Cz nr: 1 Nazwa: Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem
   okien
   1)Krótki opis
   Wykonywanie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze w obiektach MSZ
   w Warszawie (budynki biurowe uytecznoci publicznej) o cznej
   powierzchni 31 346,19 m² wraz z doranym myciem okien, wyposaaniem
   toalet w rodki czystoci i higieny oraz wyposaaniem w baterie
   automatycznych odwieaczy powietrza i koszy na mieci.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
   3)Wielko lub zakres
   Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
   nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
   Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
   zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
   wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
   1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
   2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
   do 50 % wartoci zamówienia podstawowego.
   3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
   realizacji przedmiotu zamówienia, na kwot nie nisz ni 10 000 000
   PLN (sownie: dziesi milionów zotych, 00/100).
   4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego, w
   stosunku do osób realizujcych umow, bd stosowane regulacje zawarte
   w Instrukcji Bezpieczestwa Przemysowego, stanowicej zacznik do
   umowy;
   5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
   zostanie wybrana zobowizany bdzie przekaza osobie wyznaczonej przez
   Dyrektora Generalnego Suby Zagranicznej, potwierdzon za zgodno z
   oryginaem kopi aktualnego wiadectwa bezpieczestwa przemysowego co
   najmniej trzeciego stopnia potwierdzajcego zdolno do ochrony
   informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne z wyczeniem
   moliwoci ich przetwarzania w uytkowanych przez niego obiektach,
   najpóniej w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
   z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228
   ze zm.). W przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o zamówienie
   kopi wiadectwa bezpieczestwa przemysowego nie mniej ni trzeciego
   stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
   potwierdzajcej zdolno Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o
   klauzuli poufne z wyczeniem moliwoci ich przetwarzania w
   uytkowanych przez niego obiektach, przedstawia kady z Wykonawców
   oddzielnie.
   6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
   zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
   w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
   przedmiot zamówienia;
   7. Najpóniej w dniu podpisania umowy ale przed jej zawarciem,
   Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu, imienn list wszystkich osób
   zaangaowanych w realizacj umowy, zawierajc nastpujce informacje:
   imi i nazwisko oraz nr PESEL  powysze dotyczy osób, które objte s
   klauzul spoeczn.
   8. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4  7 przez
   Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
   umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
   5 pkt 3 ustawy.
   Cz nr: 2 Nazwa: Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem
   okien
   1)Krótki opis
   Wykonywanie usugi mycia okien i innych powierzchni szklanych, w tym
   wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub innych, w obiektach
   Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, obejmujce mycie
   jednostronne oraz dwustronne powierzchni szklanych wraz z kratami,
   aluzjami zewntrznymi i wewntrznymi, parapetami zewntrznymi, ramami
   i siatkami okiennymi o cakowitej powierzchni 15 121,16 m^2.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
   3)Wielko lub zakres
   Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
   nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
   Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
   zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
   wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
   1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
   2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
   do 50 % wartoci zamówienia podstawowego.
   3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
   Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
   przedmiotu Umowy (ubezpieczenie dedykowane do umowy) na kwot nie
   nisz ni 150 000 PLN (sownie: sto pidziesit tysicy zotych).
   4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego
   najpóniej w dniu podpisania umowy ale przed jej zawarciem, Wykonawca
   przekae Zamawiajcemu wykaz osób (imi, nazwisko, PESEL)
   przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy celem ich weryfikacji
   przez suby kontrolne Zamawiajcego (ochrona Zamawiajcego). W
   przypadku negatywnej weryfikacji Zamawiajcy nie bdzie móg dopuci
   danej osoby do wykonywania przedmiotu umowy i zada od Wykonawcy jej
   zmiany.
   5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
   zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
   w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
   przedmiot zamówienia;
   6. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4 i 5 przez
   Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
   umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
   5 pkt 3 ustawy.
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   1. Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 80 000 PLN (sownie
   osiemdziesiciu tysicy zotych) dla Czci I Zamówienia oraz 7 000
   (sownie siedmiu tysicy zotych) dla Czci II Zamówienia.
   2. Zamawiajcy bdzie da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
   naleytego wykonania umowy w wysokoci 3 % cakowitej ceny oferty
   brutto dla kadej z Czci Zamówienia.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   1. Odnonie Czci I Zamówienia: Wykonawca otrzymywa bdzie
   wynagrodzenie wyliczone w oparciu o stawk jednostkow (koszt
   utrzymania czystoci za 1 m^2 powierzchni), pomnoon przez wielko
   faktycznie posprztanej powierzchni, po zakoczeniu kadego miesica
   kalendarzowego okresu obowizywania umowy i
   na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawc, po potwierdzeniu
   wykonania usugi. Zamawiajcy zobowizuje si zapaci wynagrodzenie w
   terminie 21 dni od daty otrzymania prawidowo wystawionej faktury VAT.
   Za czas i miejsce spenienia patnoci uznaje si czas i miejsce
   obcienia rachunku Zamawiajcego.
   2. Odnonie Czci II Zamówienia: Wykonawca otrzymywa bdzie
   wynagrodzenie patne w dziewiciu równych ratach po zrealizowaniu
   kadej tury, zgodnie z terminami okrelonymi w Umowie. Wynagrodzenie
   dla Wykonawcy w sytuacji zastosowania prawa opcji, bdzie liczone
   wedug ceny jednostkowej za metr kwadratowy. Patno za zrealizowan
   cz usugi nastpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidowo
   wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na
   fakturze. Za dat zapaty uwaa si dzie przekazania bankowi polecenia
   przelewu na konto Wykonawcy.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy
   speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczce:
   a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
   b) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
   c) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
   zdolnymi
   do wykonania zamówienia;
   d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   2. W celu potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu,
   okrelonych w pkt III 2.1) 1. ogoszenia, Wykonawcy s zobowizani
   przedstawi owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu
   okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
   3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
   1 ustawy Pzp, Wykonawcy s zobowizani przedstawi:
   a) owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   b) aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert;
   c) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce,
   e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zawiadczenie, e
   uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
   raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   d) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   e) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawion
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   f) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   4. Wykonawcy s zobowizani przedstawi list podmiotów nalecych do
   tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
   ustawy albo informacj o tym, e nie nalez do grupy kapitaowej.
   5. Dokumenty wymienione w pkt III.2.1) 2, III.2.1) 3, III.2.1) 4 oraz
   III.2.3) niniejszego ogoszenia naley przedstawi w formie oryginau
   (dokument opisany w punkcie III.2.1) 2, III.2.1) 3a), III.2.1) 4 oraz
   III.2.3) 4 niniejszego ogoszenia tylko w tej formie) lub kopii
   powiadczonych za zgodno z oryginaem przez osoby upowanione do
   reprezentowania Wykonawcy.
   6. W przypadku oferty skadanej przez Wykonawców ubiegajcych si
   wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt III.2.1) 3
   oraz III.2.1) 4 skada kady z Wykonawców oddzielnie. Pozostae
   dokumenty mog by przedstawione przez jednego Wykonawc lub wspólnie.
   W przypadku Wykonawców wystpujcych wspólnie na podstawie art. 23 ust.
   1 ustawy mog oni wspólnie spenia warunki, o których mowa w art. 22
   ust. 1 pkt 1  4 ustawy. Jednoczenie, kady z Wykonawców, musi
   samodzielnie wykaza brak podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
   1 ustawy oraz samodzielnie zoy list podmiotów nalecych do tej
   samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
   albo informacj o tym, e nie naley do grupy kapitaowej.
   7. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o
   udzielenie zamówienia, do oferty musi by zaczony dokument
   ustanawiajcy penomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w
   postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
   postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
   oryginale lub kopii powiadczonej notarialnie.
   8. W przypadku gdy Wykonawca bdzie polega na wiedzy i dowiadczeniu,
   potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych
   podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
   stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni
   Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
   zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zoone w oryginale.
   9. W celu oceny, czy Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
   podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
   oceny, czy stosunek czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
   rzeczywisty dostp do zasobów tego/tych podmiotu/ów, Zamawiajcy da
   zoenia dokumentów dotyczcych:
    zakresu dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
    sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc przy
   wykonywaniu zamówienia,
   o ile powysze informacje nie wynikaj z dokumentów doczonych do
   oferty na potwierdzenie spenienia warunków udziau w postpowaniu, w
   tym z dokumentu, o którym mowa w pkt III.2.1) 8 niniejszego ogoszenia.
   10. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj przepisy
   rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
   dokumentów, jakich moe da Zamawiajcy od Wykonawcy, oraz form, w
   jakich te dokumenty mog by skadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.:
   a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 3 lit. b) III.2.1)
   3 lit. c), III.2.1) 3 lit. d), III.2.1) 3 lit. f) powyej Wykonawca
   skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib
   lub miejsce zamieszkania potwierdzajce odpowiednio, e:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci,
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu,
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie;
   b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 3 lit. e) powyej,
   Wykonawca skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
   administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
   dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i
   11 ustawy.
   11. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a) tiret pierwsze
   i trzecie i III.2.1) 10 lit. b) powinny by wystawione nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, a dokument, o
   którym mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a) tiret drugie powinien by
   wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
   ofert.
   12. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
   Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a)  b) powyej,
   Wykonawca zastpuje je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym
   okrela si take osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone
   przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
   samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
   zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
   miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt II.2.1) 11
   stosuje si odpowiednio.
   13. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu zoonego przez
   Wykonawc majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajcy moe zwróci si do waciwych
   organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
   którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
   udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedoonego dokumentu.
   14. Jeeli w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5
    8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
   zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
   art. 24 ust. 1 pkt 5  8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
   gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
    zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
   notariuszem.
   15. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym powinny by zoone wraz z
   tumaczeniem na jzyk polski.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Zamawiajcy nie konkretyzuje tego warunku.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   Wykonawca zobowizany jest przedstawi:
   1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usug w zakresie niezbdnym do
   wykazania spenienia warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich
   3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu,
   dat wykonania i odbiorców oraz zaczy dokumenty potwierdzajce, e
   usugi te zostay wykonane naleycie (dotyczy Czci I i II
   Zamówienia);
   2. wykaz osób, którymi dysponuje lub bdzie dysponowa Wykonawca, które
   bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
   ich kwalifikacji zawodowych (dotyczy Czci I i II Zamówienia), a
   odnonie Czci I Zamówienia równie posiadania aktualnego na dzie
   skadania ofert powiadczenia bezpieczestwa o klauzuli poufne lub
   wyszej oraz aktualnego zawiadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie
   ochrony informacji niejawnych, a take zaczy informacj o podstawie
   do dysponowania tymi zasobami (dotyczy Czci I i II Zamówienia);
   3. wykaz narzdzi oraz sprztu specjalistycznego, którym dysponuje lub
   bdzie dysponowa Wykonawca, w trakcie wykonywania Czci I Zamówienia.
   4. pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia osób zdolnych
   do wykonania zamówienia (jeeli w wykazie, o którym mowa w pkt III.2.3)
   2. ogoszenia Wykonawca wskaza osoby, którymi bdzie dysponowa);
   5. owiadczenie, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj
   obowizek posiadania takich uprawnie.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   1. W zakresie niezbdnym do wykazania spenienia warunku udziau w
   postpowaniu okrelonego w pkt III.2.1) lit b) ogoszenia, Wykonawcy
   wyka si odpowiedni wiedz i dowiadczeniem, tj. w przypadku
   Wykonawców ubiegajcych si o udzielenie zamówienia w cigu ostatnich 3
   lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wykonali, a w przypadku
   wiadcze okresowych lub cigych równie wykonuj, naleycie nie mniej
   ni dwie gówne usugi odpowiadajce swoim rodzajem i wartoci
   przedmiotowi zamówienia. Powysze dotyczy kadej z Czci Zamówienia.
   Poprzez gówn usug odpowiadajc swoim rodzajem i wartoci
   przedmiotowi zamówienia Zamawiajcy rozumie:
   1.1. dla Czci I  wykonan lub wykonywan usug sprztania
   pomieszcze o powierzchni co najmniej 10 000 m^2 oraz warto usugi co
   najmniej 500 000 PLN brutto kada. Poprzez usug wykonywan
   Zamawiajcy rozumie usug bdc w trakcie realizacji, przy czym
   warto czci usugi w ramach zawartej umowy na dzie skadania ofert
   musi wynosi co najmniej 500 000 PLN brutto kada;
   1.2 dla Czci II  wykonan lub wykonywan usug polegajc na myciu
   okien i innych powierzchni szklanych, w tym wymagajcych uycia technik
   alpinistycznych lub innych, o wartoci co najmniej 50 000 PLN brutto
   kada. Poprzez usug wykonywan Zamawiajcy rozumie usug bdc w
   trakcie realizacji, przy czym warto zrealizowanej czci usugi w
   ramach zawartej umowy na dzie skadania ofert musi wynosi co najmniej
   50 000 PLN brutto kada.
   Zamawiajcy dopuszcza, w przypadku skadania przez Wykonawc oferty
   zarówno na Cz I jak i Cz II, aby obydwie gówne usugi byy
   wykonane lub wykonywane na rzecz jednego Zamawiajcego. Przy czym
   warto kadej czci winna by zgodna z ww. warunkiem.
   2. W zakresie niezbdnym do wykazania spenienia warunku w postpowaniu
   okrelonego w pkt. III.2.1) lit. c) ogoszenia, Wykonawcy wyka si
   odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do
   wykonywania zamówienia, tj. wyka, e dysponuj lub bd dysponowa:
   2.1 w zakresie Czci I Zamówienia:
   2.1.1. w odniesieniu do osób:
   a) co najmniej pidziesicioma jeden (51) pracownikami, którzy bd
   wykonywa usug sprztania,
   Uwaga: W ramach 51 osób, co najmniej trzy osoby sprztajce gabinety
   kierownictwa, musz by zatrudnione na podstawie umowy o prac na czas
   realizacji przedmiotu zamówienia (klauzule spoeczne).
   b) co najmniej dwunastoma (12) pracownikami sprawujcymi dyur,
   c) 1 osob nadzorujc (klauzule spoeczne) posiadajc co najmniej
   2-letnie dowiadczenie w zakresie nadzoru nad zespoem sprztajcym
   skadajcym si z minimum 30 osób wykonujcych usug sprztania,
   zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania
   ofert.
   d) 1 elektrykiem (klauzule spoeczne) posiadajcym:
   1) wiadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisj kwalifikacyjn,
   powoan zgodnie z art. 54 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne w
   zakresie eksploatacji urzdze, instalacji i sieci energetycznej o
   napiciu co najmniej 1 kV, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra
   Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 28.4.2003 w sprawie
   szczegóowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
   zajmujce si eksploatacj urzdze, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89,
   Poz. 828),
   2) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
   pracy na wysokoci, zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra zdrowia i
   Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
   lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
   pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
   przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502 t.j. ze zm.) oraz
   zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
   26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
   (Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
   3) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
   obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci (rozporzdzenie
   Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w
   dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (D.U.2004.180.1860 ze zm.),
   4) zosta zapoznany z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
   prac, zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502
   tj. ze zm.).
   e) 1 osob do zdejmowania i zawieszania firanek i zason posiadajc:
   1) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
   pracy na wysokoci, zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra Zdrowia i
   Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
   lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
   pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
   przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502 tj. ze zm.) oraz
   zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
   26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
   (DZ. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
   2) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
   obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci (rozporzdzenie
   Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w
   dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (D.U. 2004.180.1860 ze zm.),
   3) zosta zapoznany z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
   prac, zgodnie z zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.
   2014.1502 tj. ze zm.).
   Oddelegowane do realizacji przedmiotu umowy osoby wymienione w pkt. a)
    e) musz posiada:
   1) powiadczenie bezpieczestwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z
   5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz.
   1228 ze zm.) o klauzuli: poufne lub wyszej,
   2) aktualne zawiadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony
   informacji niejawnych zgodnie z ustaw z 5.8.2010 o ochronie informacji
   niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz.1228 ze zm.).
   2.1.2. w odniesieniu do potencjau technicznego:
   Wykonawca zapewni co najmniej jedn maszyn do czyszczenia podogi
   kamienno-granitowej, co najmniej 2 maszyny do polerki.
   2.2 w zakresie Czci II Zamówienia:
   2.2.1 w odniesieniu do osób:
   a) co najmniej szecioma (6) osobami do usugi mycia okien i innych
   powierzchni szklanych, wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub
   innych, które musz posiada:
   1) zawiadczenie o odbyciu kursu technik alpinistycznych wydane przez
   instruktora Polskiego Zwizku Alpinistów posiadajcego licencj wydana
   przez PZA. Lista instruktorów posiadajcych aktualn licencj znajduje
   si na stronie internetowej PZA.
   2) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
   pracy na wysokoci zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra zdrowia i
   Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
   lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
   pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
   przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502. tj. ze zm.) oraz
   zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
   26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
   (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
   3) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
   obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci zwizanej z
   przedmiotem zamówienia (rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
   dnia z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i
   higieny pracy (D.U. 2004.180.1860 ze zm.)
   4) zostay zapoznane z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
   prac zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502
   t.j. ze zm.).
   b) co najmniej jedn osob nadzorujc, posiadajc co najmniej
   2-letnie dowiadczenie w zakresie nadzoru nad zespoem myjcym okna i
   inne powierzchnie szklane, skadajcym si z minimum 6 osób
   wykonujcych przedmiot zamówienia i zdobyte w okresie ostatnich 3 lat
   przed upywem terminu skadania ofert.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena  Cz I Zamówienia. Waga 100
   2. Cena  Cz II Zamówienia. Waga 80
   3. Termin realizacji  Cz II Zamówienia. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   BDG.741.075.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Dokumenty odpatne: nie
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 1.3.2016 - 14:00
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
   nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
   Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
   zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
   wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
   1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
   2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
   do 50 % wartoci zamówienia podstawowego. Dotyczy kadej Czci
   Zamówienia.
   3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
   umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
   realizacji przedmiotu zamówienia, na kwot nie nisz ni 10 000 000
   PLN (sownie: dziesi milionów zotych, 00/100). Powysze dotyczy
   Czci I Zamówienia.
   Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
   Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
   przedmiotu Umowy (ubezpieczenie dedykowane do umowy) na kwot nie
   nisz ni 150 000 PLN (sownie: sto pidziesit tysicy zotych).
   Dotyczy Czci II Zamówienia.
   4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego:
   a) Odnonie czci I Zamówienia, w stosunku do osób realizujcych
   umow, bd stosowane regulacje zawarte w Instrukcji Bezpieczestwa
   Przemysowego, stanowicej zacznik do umowy;
   b) Odnocie czci II Zamówienia, najpóniej w dniu podpisania umowy
   ale przed jej zawarciem, Wykonawca przekae Zamawiajcemu wykaz osób
   (imi, nazwisko, PESEL) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy
   celem ich weryfikacji przez suby kontrolne Zamawiajcego (ochrona
   Zamawiajcego). W przypadku negatywnej weryfikacji Zamawiajcy nie
   bdzie móg dopuci danej osoby do wykonywania przedmiotu umowy i
   zada od Wykonawcy jej zmiany.
   5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
   zostanie wybrana zobowizany bdzie przekaza osobie wyznaczonej przez
   Dyrektora Generalnego Suby Zagranicznej, potwierdzon za zgodno z
   oryginaem kopi aktualnego wiadectwa bezpieczestwa przemysowego co
   najmniej trzeciego stopnia potwierdzajcego zdolno do ochrony
   informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne z wyczeniem
   moliwoci ich przetwarzania w uytkowanych przez niego obiektach,
   najpóniej w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
   z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228
   ze zm.). W przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o zamówienie
   kopi wiadectwa bezpieczestwa przemysowego nie mniej ni trzeciego
   stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
   potwierdzajcej zdolno Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o
   klauzuli poufne z wyczeniem moliwoci ich przetwarzania w
   uytkowanych przez niego obiektach, przedstawia kady z Wykonawców
   oddzielnie. Powysze dotyczy Czci I Zamówienia.
   6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
   zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
   w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
   przedmiot zamówienia;
   7. Najpóniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej zawarciem,
   Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu imienn list wszystkich osób
   zaangaowanych w realizacj umowy, zawierajc nastpujce informacje:
   imi i nazwisko oraz nr PESEL  powysze dotyczy osób, które objte s
   klauzul spoeczn.
   8. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4  7 przez
   Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
   umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
   5 pkt 3 ustawy.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +22 4587801
   Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +22 4587700
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z
   dziaem VI rodki ochrony prawnej ustawy z 29.1.2004  Prawo zamówie
   publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t.).
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +22 4587801
   Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +22 4587700
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausbildung des Personals - UK-Birmingham
Ausbildung des Personals
Dokument Nr...: 22473-2016 (ID: 2016012209155660947)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  UK-Birmingham: Ausbildung des Personals
   2016/S 15/2016 22473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Capita Business Services
   5th Floor, Fort Dunlop, Fort Parkway, Erdington
   Kontaktstelle(n): CSL Procurement
   B24 9FD Birmingham
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2083592188
   E-Mail: [4]CSLProcurement@capita.co.uk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   80511000
   Beschreibung
   Ausbildung des Personals.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 60 683,60 GBP
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Organisation Effectiveness Cambridge LLP
   Sheraton House, Castle Park
   CB3 0AX Cambridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 75 000 GBP
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 683,60 GBP
   ohne MwSt
References
   4. mailto:CSLProcurement@capita.co.uk?subject=TED
OT: 22/01/2016    S15    - - Services - Contract award notice - Contract
   award without prior publication
   United Kingdom-Birmingham: Staff training services
   2016/S 015-022473
   Contract award notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Capita Business Services
   5th Floor, Fort Dunlop, Fort Parkway, Erdington
   Contact point(s): CSL Procurement
   B24 9FD Birmingham
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2083592188
   E-mail: [6]CSLProcurement@capita.co.uk
   I.2)Type of the contracting authority
   Other: framework
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: yes
   Department of Health
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   GW5260  Development Centres  Department of Health.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Birmingham.
   NUTS code UKG31
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   A cohort per 1 day development centre, which includes a centre manager,
   observers, actors for exercises and administration as required.
   The training consists of:
    1:1 performance management discussion;
    Group exercises;
    In-tray exercises;
    Feedback sessions.
   Post event:
    Report writing quality assurance;
    Writing up of reports by observers;
    1:1s with report feedback.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   80511000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 60 683,60 GBP
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Award of a contract without prior publication of a contract notice in
   the Official Journal of the European Union (in the cases listed in
   Section 2 of Annex D1)
   Justification for the award of the contract without prior publication
   of a contract notice in the Official Journal of the European Union
   (OJEU):
   Directive 2004/18/EC
   1) Justification for the choice of the negotiated procedure without
   prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with
   Directive 2004/18/EC
   2) Other justification for the award of the contract without prior
   publication of a contract notice in the OJEU
   The contract falls outside the scope of application of the Directive.
   Procured via Civil Service Learning Framework
   Crown Commercial Service Contract ID: RM1568.
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Quality. Weighting 60
   2. Pricing. Weighting 40
   IV.2.2)Information about electronic auction
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   CSL/GW5260
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   Section V: Award of contract
   Lot title: GW5260  Development Centres  Department of Health
   V.1)Date of contract award decision:
   4.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 14
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Organisation Effectiveness Cambridge LLP
   Sheraton House, Castle Park
   CB3 0AX Cambridge
   UNITED KINGDOM
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 75 000 GBP
   Excluding VAT
   Total final value of the contract:
   Value: 60 683,60 GBP
   Excluding VAT
   V.5)Information about subcontracting
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   VI.2)Additional information:
   Supplier Size  Small.
   Contract Start Date  6.11.2015
   Contract End Date  31.12.2016
   (MT Ref: 169314).
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung - UK-Stanford-le-Hope
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Dokument Nr...: 22573-2016 (ID: 2016012209165861039)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  UK-Stanford-le-Hope: Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
   2016/S 15/2016 22573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   London Gateway Port Limited
   No 1 London Gateway
   Zu Händen von: Nwaiwu Oluchi
   SS17 9DY Stanford-le-Hope
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [4]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
   Internet-Adresse(n):
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [5]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
   do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
   -1#fh
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [6]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
   do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
   -1#fh
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79993000, 50700000
   Beschreibung
   Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung.
   Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 401 189 GBP
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   First Intervention Training Limited
   Thames Enterprise Park, The Manorway, Coryton
   SS17 9LL Stanford-le-Hope
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [7]luke.hayes@fit-group.co.uk
   Telefon: +44 7793045251
   Internet-Adresse: [8]http://www.hayley-group.co.uk/
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 401 189 GBP
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 36
References
   4. mailto:oluchi.nwaiwu@dpworld.com?subject=TED
   5. https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=142348
3315978.59733-1#fh
   6. https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=142348
3315978.59733-1#fh
   7. mailto:luke.hayes@fit-group.co.uk?subject=TED
   8. http://www.hayley-group.co.uk/
OT: 22/01/2016    S15    - - Services - Contract award notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-Stanford-le-Hope: Building and facilities management
   services
   2016/S 015-022573
   Contract award notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   London Gateway Port Limited
   No 1 London Gateway
   For the attention of: Nwaiwu Oluchi
   SS17 9DY Stanford-le-Hope
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [6]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
   Internet address(es):
   Electronic access to information:
   [7]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
   do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
   -1#fh
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [8]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
   do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
   -1#fh
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Facilities Maintenance Services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 1: Maintenance and repair services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance: No
   1 London Gateway Port Limited, Stanford-le-Hope, SS17 9DY.
   NUTS code UKH32,UK
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   Provision of PPE and work-wear for the staff of London Gateway Port.
   Laundry services for the PPE and work-wear.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   79993000, 50700000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 401 189 GBP
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Price
   2. Quality
   3. Delivery performance
   4. Risk
   5. Overall cost effectiveness
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Section V: Award of contract
   Lot title: Facilities Maintenance Services
   V.1)Date of contract award decision:
   22.12.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 3
   Number of offers received by electronic means: 3
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   First Intervention Training Limited
   Thames Enterprise Park, The Manorway, Coryton
   SS17 9LL Stanford-le-Hope
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [9]luke.hayes@fit-group.co.uk
   Telephone: +44 7793045251
   Internet address: [10]http://www.hayley-group.co.uk/
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 401 189 GBP
   Excluding VAT
   If annual or monthly value:
   Number of months: 36
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   London Gateway Port Limited
   No. 1 London Gateway
   SS17 9DY Stanford-le-Hope
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [11]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
   Telephone: +44 1375648441
   Internet address: [12]http://www.londongateway.com
   Fax: +44 1375648300
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauaufsicht - PL-Warschau
Bauaufsicht
Dokument Nr...: 22673-2016 (ID: 2016012209174061128)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Warschau: Bauaufsicht
   2016/S 15/2016 22673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   ul. Targowa 74
   Kontaktstelle(n): Centrum Realizacji Inwestycji Region Poudniowy,
   31-157 Kraków, pl. Matejki 12, II pitro, pok. 213
   Zu Händen von: Dariusz Biaek
   03-734 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 123931596
   E-Mail: [4]maciej.jaworski@plk-sa.pl
   Fax: +48 123931562
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.plk-sa.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71520000
   Beschreibung
   Bauaufsicht.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum w skadzie: MP-Mosty Sp. z o.o.; INKO Consulting Sp. z o.o.
   ul. Dekerta 18
   30-703 Kraków
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 099 600 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:maciej.jaworski@plk-sa.pl?subject=TED
   5. http://www.plk-sa.pl/
OT: 22/01/2016    S15    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi nadzoru budowlanego
   2016/S 015-022673
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   ul. Targowa 74
   Punkt kontaktowy: Centrum Realizacji Inwestycji Region Poudniowy,
   31-157 Kraków, pl. Matejki 12, II pitro, pok. 213
   Osoba do kontaktów: Dariusz Biaek
   03-734 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 123931596
   E-mail: [6]maciej.jaworski@plk-sa.pl
   Faks: +48 123931562
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.plk-sa.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: Spóka prawa handlowego, w której Skarb Pastwa posiada ponad 50
   % akcji
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: obsuga sieci wiadczcych publiczne usugi w zakresie transportu
   kolejowego
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Penienie nadzoru i funkcji Inyniera dla zadania pn. Budowa cznicy
   kolejowej Kraków Zabocie  Kraków Krzemionki.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
   zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
   krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
   technicznych; usugi bada i analiz technicznych
   Kod NUTS PL213,PL21
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Usuga obejmuje nadzór, administrowanie i koordynacj realizacji umów,
   jakie bd podpisane z Wykonawcami robót i wykonawcami innych umów, w
   tym umow na nadzór autorski i umowami przyczeniowymi z PKP
   Energetyka S.A., wyonionymi w ramach odrbnych postpowa.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   71520000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cakowita cena brutto. Waga 95
   2. Dodatkowy personel w okresie prowadzenia nadzoru (z wyczeniem
   okresu zgaszania wad). Waga 5
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   IREZA3d-216-08/POIi 7.1-55/15; 9090/IREZA3/06883/02845/15/P
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Wstpne ogoszenie informacyjne
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 086-155552 z dnia 5.5.2015
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 152-280813 z dnia 8.8.2015
   Inne wczeniejsze publikacje
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [10]2015/S 156-286913 z dnia 14.8.2015
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [11]2015/S 166-303010 z dnia 28.8.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 8
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum w skadzie: MP-Mosty Sp. z o.o.; INKO Consulting Sp. z o.o.
   ul. Dekerta 18
   30-703 Kraków
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 099 600 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: tak
   Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
   POIi 7.1-55  Budowa cznicy kolejowej Kraków Zabocie  Kraków
   Krzemionki.
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych zgodnie z
   art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
   2. Zmiana postanowie Umowy w stosunku do treci oferty Wykonawcy
   moliwa jest wycznie w przypadku zaistnienia okolicznoci i na
   warunkach okrelonych w Tomie II SIWZ.
   3. W kadym przypadku kiedy w SIWZ powoywane s Polskie Normy, naley
   je uzna za przykadowe i Zamawiajcy dopuszcza stosowanie europejskich
   Norm Zharmonizowanych zgodnie z art. 30, ust.1 Pzp.
   4. Zamawiajcy zgodnie z art. 24, ust. 2a Ustawy, zastrzega sobie prawo
   do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
   w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania, w sposób zawiniony
   powanie naruszy obowizki zawodowe, w szczególnoci, gdy Wykonawca w
   wyniku zamierzonego dziaania lub racego niedbalstwa nie wykona lub
   nienaleycie wykona zamówienie.
   5.Jest to zamówienie udzielane w czciach. Pozostae zamówienia
   udzielane bd zgodnie z art. 6a ustawy Prawo Zamówie Publicznych.
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza przy Prezesie Urzdu Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587801
   Faks: +48 224587803
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
   wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
   Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli informacje
   te zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w
   terminie 15 dni  jeeli informacje zostay przesane w inny sposób.
   2. Odwoanie wobec treci ogoszenia oraz postanowie Specyfikacji
   Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia
   publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
   zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
   internetowej.
   3. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 1 i 2 wnosi si
   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
   naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
   stanowicych podstaw jego wniesienia
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FI-Tampere
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 2273-2016 (ID: 2016010609024639655)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  FI-Tampere: Bauarbeiten
   2016/S 3/2016 2273
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   TREDU-Kiinteistöt Oy
   2605630-1
   PL 487
   FI-33101 Tampere
   FINNLAND
   Weitere Auskünfte erteilen: ISS Proko Oy
   0920253-0
   PL 590
   Zu Händen von: Pertti Hasala
   FI-40101 Jyväskylä
   FINNLAND
   Telefon: +358 407048387
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 28.1.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   29.1.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Finnisch.
References
OT: 06/01/2016    S3    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely
   Suomi-Tampere: Rakennustyöt
   2016/S 003-002273
   Hankintailmoitus
   Rakennusurakat
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   TREDU-Kiinteistöt Oy
   2605630-1
   PL 487
   FI-33101 Tampere
   SUOMI
   Osoite, josta saa lisätietoja: ISS Proko Oy
   0920253-0
   PL 590
   Vastaanottaja: Pertti Hasala
   FI-40101 Jyväskylä
   SUOMI
   Puhelin: +358 407048387
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Muu: kiinteistöjen rakennuttaminen ja hallinnointi
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   Koulutus
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   Tredu Pirkkala maarakennus- ja perustusurakka.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Rakennusurakat
   Toteutus
   NUTS-koodi FI197
   II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
   dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
   Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
   II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
   II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Tredu Pirkkala avioniikan ja lennonopetuksen tilat, rakennuspohjan ja
   tontin maarakennustyöt, perustustyöt, kellarin ja sprinklerialtaan
   betonirakennetyöt, alueviemäri- ja -putkistotyöt, sähkökaapeli- ja
   suojaputkiasennukset.
   II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   45000000
   II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.1.8)Osat
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
   Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
   II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
   II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
   II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: ei
   II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
   II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
   Alkamispäivä 25.2.2016. Päättymispäivä 30.5.2016
   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
   tiedot
   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
   Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
   koskeviin määräyksiin:
   Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
   ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
   III.1.4)Muut erityisehdot
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
   ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Esitetty
   tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   III.2.3)Tekninen suorituskyky
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä:
   Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
   III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
   III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
   lukumäärää koskevat rajoitukset
   IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   Alhaisin hinta
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
   TRE:7803/02.07.01/2015
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Ennakkotietoilmoitus
   Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [6]2015/S 179-324422 , 16.9.2015
   IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
   saantia koskevat ehdot
   Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:
   28.1.2016 - 12:00
   IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
   29.1.2016 - 14:00
   IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
   valituille ehdokkaille
   IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
   osallistumispyynnöt voidaan laatia
   suomi.
   IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
   Kesto (kuukausina): 2 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
   IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
   VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.3)Lisätiedot
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   FI-00520 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.4.2)Muutoksenhaku
   VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verwaltung von Finanzmärkten - BE-Châtelet
Verwaltung von Finanzmärkten
Dokument Nr...: 22773-2016 (ID: 2016012209184961234)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  BE-Châtelet: Verwaltung von Finanzmärkten
   2016/S 15/2016 22773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Châtelet
   Rue Gendebien 55
   Zu Händen von: Monsieur Jean-Marc Porsont
   6200 Châtelet
   BELGIEN
   Telefon: +32 71244930
   E-Mail: [4]directeur.financier@chatelet.be
   Fax: +32 71244924
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.chatelet.be
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66150000
   Beschreibung
   Verwaltung von Finanzmärkten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   ING Belgique SA
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 759 454,68 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:directeur.financier@chatelet.be?subject=TED
   5. http://www.chatelet.be/
OT: 22/01/2016    S15    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   Belgique-Châtelet: Services d'administration des marchés financiers
   2016/S 015-022773
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Châtelet
   Rue Gendebien 55
   À l'attention de: Monsieur Jean-Marc Porsont
   6200 Châtelet
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 71244930
   E-mail: [6]directeur.financier@chatelet.be
   Fax: +32 71244924
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.chatelet.be
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Marché de service  Emprunt global.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6: Services financiers a) Services
   dassurances b) Services bancaires et dinvestissement
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Comptabilité, Place de l'Hôtel de Ville 10
   à 6200 Châtelet.
   Code NUTS BE322
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Marché de services emprunts.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66150000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 76
   2. Qualité des services obligatoires à fournir. Pondération 6
   3. Autre modalités relatives au coût de financement, assistance et
   support en matière financière. Pondération 18
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015/465
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 172-313217 du 5.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 1 Intitulé: Marché de service  Emprunt global
   V.1)Date d'attribution du marché:
   18.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   ING Belgique SA
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 759 454,68 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Renseignements complémentaires point II.2.3)
   La loi sur les marchés publics offre la faculté de reconduction de ce
   marché financier pour les années 2016, 2017 et 2018 à la condition
   impérative de la prévoir dans le cahier spécial des charges. Le Collège
   communal aura la possibilité de négocier, sans appel à la concurrence,
   auprès de l'adjudicataire du marché de 2015 en ayant toujours la
   possibilité de ne pas accepter les nouvelles conditions de
   l'adjudicataire et donc d'envisager une nouvelle procédure sur pied de
   l'article 26,§1, 2°, b de la loi du 15.6.2006.
   Montant 1er année: 189 863,67 EUR.
   Montant global des 2ème, 3ème et 4ème années: 569 591,01 EUR.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Conseil d'État
   Rue de la Science 37
   1040 Bruxelles
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 3222349611
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Conseil d'État
   Rue de la Science 37
   1040 Bruxelles
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 3222349611
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen - FR-Paris
Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile
Dokument Nr...: 22873-2016 (ID: 2016012209193561329)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  FR-Paris: Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
   2016/S 15/2016 22873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
   Sicherheit
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2009/81/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mindef/Simmad
   Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des
   matériels aéronautique du ministère de la défense Balard parcelle
   Victor, 60 avenue du Général Martial Valin, CS 21623
   Zu Händen von: M. le directeur adjoint industrie et chef du service des
   contrats et des finances de la Simmad
   75509 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 533053825
   E-Mail: [4]simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr
   Fax: +33 533053827
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50650000, 34740000
   Beschreibung
   Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
   .
   Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die
   Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 15 92 053 Los-Nr: 1  lot 1: matériels électriques,
   électromécaniques et électroniques pour aéronefs à voilure fixe.
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   NSE
   65 bis avenue de l'Europe
   77184 Émerainville
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 165 573 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 15 92 054 Los-Nr: 2  lot 2: matériels électriques,
   électromécaniques et électroniques pour hélicoptères.
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   NSE
   65 bis avenue de l'Europe
   77184 Émerainville
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 14 174 927 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 22/01/2016    S15    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure restreinte
   France-Paris: Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des
   missiles et des spationefs militaires
   2016/S 015-022873
   Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
   défense et de la sécurité
   Services
   Directive 2009/81/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Mindef/Simmad
   Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des
   matériels aéronautique du ministère de la défense Balard parcelle
   Victor, 60 avenue du Général Martial Valin, CS 21623
   À l'attention de: M. le directeur adjoint industrie et chef du service
   des contrats et des finances de la Simmad
   75509 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 533053825
   E-mail: [6]simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr
   Fax: +33 533053827
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Maintien en condition opérationnelle d'équipements aéronautiques
   électriques, électromécaniques et électroniques du ministère de la
   défense.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur laccord-cadre
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Maintien en condition opérationnelle d'équipements aéronautiques
   électriques, électromécaniques et électroniques du ministère de la
   défense.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   50650000, 34740000
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Restreinte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 45
   2. Valeur technique. Pondération 40
   3. Délai. Pondération 15
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   SIMMAD-14-AOR-021
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2014/S 193-341541 du 8.10.2014
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 15 92 053 Lot nº: 1 - Intitulé: Maintien en condition
   opérationnelle d'équipements aéronautiques électriques,
   électromécaniques et électroniques du ministère de la défense. lot 1:
   matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour aéronefs
   à voilure fixe.
   V.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   NSE
   65 bis avenue de l'Europe
   77184 Émerainville
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 1 165 573 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter:
   Réparations d'équipements.
   Marché nº: 15 92 054 Lot nº: 2 - Intitulé: Maintien en condition
   opérationnelle d'équipements aéronautiques électriques,
   électromécaniques et électroniques du ministère de la défense. lot 2:
   matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
   hélicoptères.
   V.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   NSE
   65 bis avenue de l'Europe
   77184 Émerainville
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 14 174 927 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter:
   Réparations d'équipements.
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Les montants indiqués ci-dessus sont les montants maximum des marchés.
   Le parc des matériels à soutenir est le suivant:
    lot 1: matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
   les aéronefs suivants: Alphajet, Mirage 2000 et Planeurs,
    lot 2: matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
   les hélicoptères suivants: Alouette lll, Cougar, Fennec,Gazelle, Lynx,
   Panther, Puma, Super-Puma et Tigre.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 4
   E-mail: [8]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 4
   E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ammoniak - PL-Ostroka
Ammoniak
Dokument Nr...: 22973-2016 (ID: 2016012209203261423)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  PL-Ostroka: Ammoniak
   2016/S 15/2016 22973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ENERGA Elektrownie Ostroka S.A.
   ul. Elektryczna 5
   Zu Händen von: Daria Kwanik
   07-401 Ostroka
   POLEN
   Telefon: +48 586921857
   E-Mail: [4]daria.kwasnik@energa.pl
   Fax: +48 586921880
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.energaostroleka.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   24413000
   Beschreibung
   Ammoniak.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 711 200 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy SA
   al. Tysiclecia Pastwa Polskiego 13
   24-110 Puawy
   POLEN
   Telefon: +48 815652146
   Fax: +48 815653297
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 436 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 711 200 PLN
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:daria.kwasnik@energa.pl?subject=TED
   5. http://www.energaostroleka.pl/
OT: 22/01/2016    S15    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Ostroka: Amoniak
   2016/S 015-022973
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia  zamówienia sektorowe
   Dyrektywa 2004/17/WE
   Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   ENERGA Elektrownie Ostroka S.A.
   ul. Elektryczna 5
   Osoba do kontaktów: Daria Kwanik
   07-401 Ostroka
   POLSKA
   Tel.: +48 586921857
   E-mail: [6]daria.kwasnik@energa.pl
   Faks: +48 586921880
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres podmiotu zamawiajcego: [7]www.energaostroleka.pl
   I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Sektor elektroenergetyczny
   I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
   Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawa wody amoniakalnej 24 % do ENERGA Elektrownie Ostroka SA na
   lata 20162017.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Ostroka.
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
   Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody amoniakalnej 24 % do ENERGA
   Elektrownie Ostroka SA na lata 2016  2017.
   Planowane zapotrzebowanie Zamawiajcego na wod amoniakaln 24 %
   szacowane jest w iloci nie wikszej ni 9 060 ton. Zamawiajcy
   zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zapotrzebowania ogólnej iloci
   wody amoniakalnej, w zakresie nie wikszym ni 50 %, bez zmian warunków
   realizacji niniejszego zamówienia.
   Szczegóowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Charakterystyka i
   parametry wody amoniakalnej 24 % oraz projekt umowy stanowice
   zaczniki do SIWZ.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   24413000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 4 711 200 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
   ZP/EEO/461/2015/DK
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 204-371324 z dnia 21.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Udzielenie zamówienia i jego warto
   V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   8.1.2016
   V.1.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja
   o udzieleniu zamówienia
   Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy SA
   al. Tysiclecia Pastwa Polskiego 13
   24-110 Puawy
   POLSKA
   Tel.: +48 815652146
   Faks: +48 815653297
   V.1.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 5 436 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 711 200 PLN
   Bez VAT
   V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   V.1.6)Cena zapacona za zakupy okazyjne
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odowlania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcom
   przysuguje zoenie odwoania do Prezesa Izby na zasadach i w
   terminach okrelonych w dziale VI ustawy.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odowlania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Baumpflege - BG-Plovdiv
Baumpflege
Fällen von Bäumen
Dokument Nr...: 23073-2016 (ID: 2016012209214161517)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
  BG-Plovdiv: Baumpflege
   2016/S 15/2016 23073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   EVN Balgariya Elektrorazpredelenie EAD
   ul. Hristo G. Danov No. 37
   Zu Händen von: Nikolay Kerechiev
   4000 Plovdiv
   BULGARIEN
   Telefon: +359 882832324
   Fax: +359 32278500
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.evn.bg
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?li
   stnode=/Za-nas/BuyersProfile
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77211500, 77211400
   Beschreibung
   Baumpflege.
   Fällen von Bäumen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 134 446 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 4600003433
   Los-Nr: 3
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      120548749
   .   29
   4000 
   BULGARIEN
   Telefon: +359 30168090
   Fax: +359 30168099
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 134 446 BGN
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. http://www.evn.bg/
   5. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
   6. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
OT: 22/01/2016    S15    - -  -      -
     
   -:     
   2016/S 015-023073
         
    2004/17/
    : 
   I.1),   /  
      E
   115552190
   .  .   37
     :  
   4000 
   
   : +359 882832324
   : +359 32278500
    /:
      : [6]www.evn.bg
       :
   [7]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
      :
   [8]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?li
   stnode=/Za-nas/BuyersProfile
   I.2) 
    
   I.3)       
          : 
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
                 
     .
   II.1.2)        , 
          
   
      12:    ;  
        ;   
     ; ,   
     
          ,  
         :   
      .
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /:
                 
     .
    3   A   .
   II.1.5)O   (CPV)
   77211500, 77211400
   II.1.6)      (GPA)
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 1 134 446 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
          
   IV.2)  
   IV.2.1)  
   - 
   IV.2.2)   
       : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,   :
    -13---89
   IV.3.2)    
        
         : [9]2013/S 143-249799  25.7.2013
    V:   
   V.1)    
    : 4600003433
     : 3 -    :  
                
      3   A   
   V.1.1)      :
   14.12.2015
   V.1.2)  
      : 2
   V.1.3)     ,    
        
      120548749
   .   29
   4000 
   
   : +359 30168090
   : +359 30168099
   V.1.4)    
        :
   : 1 134 446 BGN
       
   V.1.5)    /
          /: 
   V.1.6)      
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
   VI.3)  
   VI.3.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [10]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [11]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Falmouth: - UK-Falmouth
Spezialboote
Dokument Nr...: 23173-2016 (ID: 2016012309014961805)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  UK-Falmouth:
   2016/S 16/2016 23173
   Berichtigung
   Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
   Lieferauftrag
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2016/S 015-021108)
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Falmouth Harbour Commissioners
   44 Arwennick Street Falmouth Cornwall
   Falmouth
   TR11 3JQ
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Kontaktstelle(n): Captain Mark Sansom
   Telefon: +44 1326310995
   E-Mail: [5]tenders@falmouthport.co.uk
   NUTS-Code: UKK30
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [6]http://www.falmouthport.co.uk
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   The manufacture and supply of a catamaran hull mooring maintenance
   vessel.
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   34521000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The construction and supply of a 12-metre catamaran steel hull vessel
   to the authority's own design suitable for the use of maintaining
   moorings, undertaking related activities including limited salvage and
   oil pollution response tasks.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   21/01/2016
   VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [7]2016/S 015-021108
   Abschnitt VII: Änderungen
   VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
   VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
   Abschnitt Nummer: I.3)
   Stelle des zu berichtigenden Textes: Communication:
   Anstatt:
   The procurement documents are available for unrestricted and full
   direct access, free of charge, at: [8]http://www.falmouthport.co.uk
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Tenders or requests to participate must be submitted electronically
   via: [9]http://www.falmouthport.co.uk
   muss es heißen:
   The procurement documents are available for unrestricted and full
   direct access, free of charge, at:
   [10]http://www.contractsfinder.service.gov.uk
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Tenders or requests to participate must be submitted electronically
   via: [11]http://www.contractsfinder.service.gov.uk
   VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
References
   5. mailto:tenders@falmouthport.co.uk?subject=TED
   6. http://www.falmouthport.co.uk/
   7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:021108-2016:TEXT:DE:HTML
   8. http://www.falmouthport.co.uk/
   9. http://www.falmouthport.co.uk/
  10. http://www.contractsfinder.service.gov.uk/
  11. http://www.contractsfinder.service.gov.uk/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - BE-Lüttich
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 23273-2016 (ID: 2016012309024061915)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  BE-Lüttich: Bauarbeiten
   2016/S 16/2016 23273
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   SPI
   Rue du Vertbois 11
   Zu Händen von: Monsieur Julien Germay
   4000 Liège
   BELGIEN
   Telefon: +32 42301254
   E-Mail: [4]julien.germay@spi.be
   Fax: +32 42301120
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spi.be
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 14.3.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.3.2016 - 11:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:julien.germay@spi.be?subject=TED
   5. http://www.spi.be/
OT: 23/01/2016    S16    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   Belgique-Liège: Travaux de construction
   2016/S 016-023273
   Avis de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   SPI
   Rue du Vertbois 11
   À l'attention de: Monsieur Julien Germay
   4000 Liège
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 42301254
   E-mail: [6]julien.germay@spi.be
   Fax: +32 42301120
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.spi.be
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: Intercommunale
   I.3)Activité principale
   Affaires économiques et financières
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE PRESERVATION DES BATIMENTS
   «CHIMIE-METALLURGIE» AU VAL BENOIT A LIEGE.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Liège
   Code NUTS BE33
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le marché auquel s'appliquent les clauses et conditions du présent
   cahier spécial des charges a pour objet: LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET
   DE PRESERVATION DES BATIMENTS «CHIMIE-METALLURGIE» AU VAL BENOIT A
   LIEGE.
   Tous les travaux, fournitures, transports, main d'uvre, pose, moyens
   d'exécution, évacuation des décombres et déchets quelconques, services
   et sujétions diverses faisant partie du marché sont énoncés au présent
   cahier spécial des charges et métrés, représentés aux plans et épures
   en se conformant aux indications données en cours d'exécution par
   l'Auteur de projet ou son délégué, et repris dans tous autres documents
   contractuels.
   Le marché comprend en outre, l'entretien et la protection de tous les
   ouvrages existants et réalisés jusqu'à la réception provisoire et
   ensuite, suivant stipulations du CSCH, jusqu'à l'expiration des délais
   de garantie, toutes fournitures et main-d'uvre comprises.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45000000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   en jours: 240 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à
   la dizaine supérieure).
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: 1. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste
   sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées par
   les causes d'exclusion reprises à l'article 61 de l'A.R. du 15 juillet
   2011 et s'engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les
   documents et preuves nécessaires. En tout état de cause, les documents
   et preuves doivent être produits par l'auteur de l'offre la plus basse
   ou la plus intéressante suivant le cas.
   2. En application des articles 62 et 81 de l'A.R. du 15 juillet 2011:
    pour les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à
   la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs:
   une attestation originale de l'Office national de sécurité sociale
   (avec cachet sec), dont il résulte que le soumissionnaire est en règle
   en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité
   d'existence, l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la
   date ultime de dépôt des offres et des demandes de participation;
    pour les soumissionnaires de nationalité étrangère: une attestation
   originale délivrée par l'autorité compétente ou une attestation
   identique à celle prévue pour les soumissionnaires belges, conformément
   aux dispositions de l'article 62 de l'A.R. du 15 juillet 2011;
    pour les soumissionnaires n'employant pas de personnel: une
   attestation originale similaire émanant de l'INASTI;
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Renseignements et formalités pour évaluer si ces
   exigences sont remplies:
   1. Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au
   modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
   2. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
   (catégorie et classe).
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): 1. Des déclarations
   bancaires appropriées.
   2. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
   (catégorie et classe).
   Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 5
   Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat
   d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux
   publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n°
   d'inscription sur la liste des agréations.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont
   remplies:
   1. Voir article portant sur l'agréation des
   entrepreneurs requise (catégorie et classe).
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
   1. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
   (catégorie et classe).
   Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 5
   Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat
   d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux
   publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n°
   d'inscription sur la liste des agréations.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
   réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
   offres à négocier non
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   2014-576
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de préinformation
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2013/S 033-051811
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
   aux documents: 14.3.2016
   Documents payants: oui
   Prix: 0 EUR
   Modalités de paiement: Conditions d'obtention: Les documents du marché
   sont disponibles gratuitement sous format informatique. Sur demande
   auprès de Julien GERMAY  Coordinateur de projets  Développement
   Infrastructures à la SPI ([9]julien.germay@spi.be  04/230.12.54), un
   lien sera envoyé par mail au soumissionnaire, qui permettra le
   téléchargement des documents du marché.
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   15.3.2016 - 11:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Date: 15.3.2016 - 11:00
   Lieu:
   Atrium Vertbois  rue du Vertbois 11
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Visite des lieux obligatoire
   Le représentant du Pouvoir adjudicateur délivrera une attestation
   confirmant la présence du soumissionnaire à la visite des lieux.
   L'attestation de visite doit obligatoirement être jointe à l'offre sous
   peine de nullité de celle-ci.
   Après cette visite, les soumissionnaires auront la possibilité de poser
   leurs questions par écrit uniquement à l'adresse e-mail:
   [10]julien.germay@spi.be jusqu'au 22 février 2016 avant 16 heures. Dans
   la mesure du possible, les réponses leurs parviendront pour le 29
   février avant 16 heures.
   Si la personne qui effectue la visite n'est pas le soumissionnaire,
   elle doit présenter une procuration dûment datée et signée lui donnant
   tout pouvoir pour effectuer cette visite (voir annexe).
   Le caractère obligatoire de cette visite est justifié par le fait que,
   en déposant son offre, l'Entreprise est censée connaître parfaitement
   la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès et
   d'approvisionnement, la nature exacte des prestations et fournitures à
   réaliser et les difficultés éventuelles que cette réalisation peut
   rencontrer. Le soumissionnaire ne peut être en possession de ces
   indications complètes qu'en effectuant cette visite en compagnie de
   l'Auteur de projet et du Pouvoir adjudicateur.
   Le lieu de rendez-vous est sur site, en venant par le Quai Banning à
   4000 LIEGE, sur le parking du bâtiment Génie-Civil situé à droite en
   fin de voirie d'accès au site.
   Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site
   engendre la nullité de l'offre:
   15/02/2016 à 10.00
   L'Entreprise est réputée, pour l'exécution des travaux, s'être rendue
   sur les lieux où les travaux doivent être réalisés et, préalablement à
   la remise de son offre, avoir:
    Procédé à une visite détaillée du terrain, des lieux, des bâtiments
   existants et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
   physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
   accès et aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied
   d'uvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier
   (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction de
   matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'uvre, énergie
   électrique, eau, installation et repli de chantier, éloignement des
   décharges publiques ou privées, voisinages, etc.).
    Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et
   documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que du site, des
   lieux et des implantations des ouvrages et de tous les éléments
   généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.
   Particulièrement, l'Entreprise a également pris connaissance des
   contraintes d'exécution qui pourraient être, le cas échéant,
   influencées par les activités continues sur le site.
    Contrôlé les indications des documents de consultation, notamment
   celles données par le cahier spécial des charges et les documents
   graphiques et avoir recueilli tous renseignements complémentaires
   éventuels auprès du Maître de l'ouvrage, de l'Auteur de projet et
   également pris tous renseignements utiles auprès des services publics
   ou de caractère public (IILE: Intercommunale d'Incendie de Liège &
   Environs, Service des Eaux, Electricité et Gaz, Télédistribution,
   etc.).
    Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et
   s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de
   leurs particularités et de l'existence éventuelle d'éléments dont la
   nature peut avoir des répercussions sur les travaux à exécuter.
   Notamment, avoir pris connaissance de la nature du terrain et de ses
   particularités géologiques (perméabilité importante de la zone
   alluvionnaire à proximité de la Meuse, niveau de la nappe aquifère,
   etc.).
   Les soumissionnaires ne peuvent ultérieurement introduire, à l'encontre
   du Maître de l'ouvrage ou de l'Auteur de projet, aucune réclamation du
   chef d'un grief non signalé dans leur offre ou d'une mauvaise
   compréhension des documents du marché.
   L'état des constructions et du site peut avoir évolué entre le moment
   de l'étude et le moment de la réalisation des travaux. Toutes les
   remarques éventuelles au sujet de l'évolution des bâtiments et du site
   comme il est dit ci-dessus, doivent figurer dans une note annexée à
   l'offre. Elles ne peuvent avoir pour effet de contribuer à une
   restriction ou une réserve.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von elektrischen Leitungen - DE-Zossen
Installation von elektrischen Leitungen
Einbruchmeldeanlagen
Installation von elektrischen Kabeln
Installation von Fernmeldeanlagen
Dokument Nr...: 23373-2016 (ID: 2016012309032362010)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  DE-Zossen: Installation von elektrischen Leitungen
   2016/S 16/2016 23373
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) 
   Vergabestelle
   Hauptallee 116/2; Zossen/OT Wünsdorf
   15806 Zossen
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [6]info.vergabe@blb.brandenburg.de
   Fax: +49 33702211-3399
   Internet-Adresse(n):
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Wirtschaft und Finanzen
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Polizeiinspektion Havelland, Falkensee, Neubau mit RSA, Fernmelde- und
   Informationsanlagen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Polizeiinspektion Havelland, Finkenkruger Str. 73, 14612 Falkensee.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Fernmelde- und Informationsanlage.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45310000, 31625300, 45311100, 45314000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Fernsprech- und Datenleitungsnetz mit 5 Netzwerkschränken, ca. 4 400 m
   Kabel und Leitungen, 30000 m Installationskabel Cat. 7; 1
   Gegensprechanlage; Ergänzung eines Antennenmastes mit 1 SAT-Anlage;
   Medien- und Videotechnik mit 3 LCD-Projektoren Projektionsleinwand und
   1 Smartboard; 2Domekameras und 3 Netzwerkkameras, 1 Leitstellentisch,
   höhenverstellbar, mti Pultaufsatz, 1 Notruf Behinderten-WC; 1
   Audio-ringschleifenanlage, Einbruchmeldeanlage für einzelne Räume; 1
   USV 15 kVA; Brandschottungen; Schlitz- und Bohrarbeiten.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 11.4.2016. Abschluss 6.12.2016
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Vertragserfüllung 5 v. H.
   Mängelansprüche 3 v. H.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Vorzulegende Nachweise:
   124; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
   221 oder 222; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
   Vereinbarung Vergabegesetz; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
   Wartungs-/Instandhaltungsvertrag mit Arbeitskarten; Mit dem Angebot;
   Mittels Eigenerklärung;
   223; Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels Eigenerklärung.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
   des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen.
   Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
   anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
   Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
   Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
   Adresse eingesehen werden:
   [8]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
   des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen.
   Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
   anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
   Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
   Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
   Adresse eingesehen werden:
   [9]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für
   Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen.
   Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
   anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
   Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
   Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
   Adresse eingesehen werden:
   [10]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   NRP-L-30015376
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [11]2015/S 059-102858 vom 25.3.2015
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 18.2.2016 - 23:59
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   19.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 7.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 19.2.2016 - 10:00
   Ort:
   Zossen OT Wünsdorf, Hauptallee 116/2.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
   und ihre Bevollmächtigten.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Es erfolgt kein Versand der Ausschreibungsunterlagen.
   Elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen:
   [12]http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
   Bekanntmachungs-ID: CXSEYYDYYP6.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium f. Wirtschaft u.
   Europaangelegenheiten
   Heinrich-Mann-Alle 107
   14473 Potsdam
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 331866-1652
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Für
   die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer
   müssen die Fristen des *§ 107 GWB* beachtet werden. Die Vergabestelle
   weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln
   des § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1  4 GWB hin. Diese hat jeder Bewerber oder
   Bieter zu beachten, wenn er einen behaupteten Verstoß gegen das
   Vergaberecht geltend machen möchte. § 107 Abs. 3 S. 1 GWB lautet:
   Der Antrag (auf Nachprüfung) ist unzulässig, soweit:
   1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im
   Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht
   unverzüglich gerügt hat,
   2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
   erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
   benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
   Auftraggeber gerügt werden,
   3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
   Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
   in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
   Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
   4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
   Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen
   (BLB)-Justiziariat
   Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 11
   14473 Potsdam
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 33158181-199
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   19.1.2016
References
   6. mailto:info.vergabe@blb.brandenburg.de?subject=TED
   7. http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
   8. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
   9. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
  10. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
  11. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102858-2015:TEXT:DE:HTML
  12. http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Sand - DK-Hobro
Sand
Gummibodenplatten
Sportgeräte und -ausrüstungen
Maschinen und Geräte für Freizeitausrüstungen
Kletteranlagen für Spielplätze
Spielplatzausrüstungen
Wippen für Spielplätze
Tunnel für Spielplätze
Sitzreihen für Spielplätze
Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze
Dokument Nr...: 23473-2016 (ID: 2016012309041262089)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  DK-Hobro: Sand
   2016/S 16/2016 23473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mariagerfjord Kommune
   Nordre Kajgade 1
   9500 Hobro
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 97113000
   E-Mail: [4]indkob@mariagerfjord.dk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://mariagerfjord.dk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   14211000, 33682000, 37400000, 37480000, 37535220, 37535200, 37535250,
   37535260, 37535280, 43325000
   Beschreibung
   Sand.
   Gummibodenplatten.
   Sportgeräte und -ausrüstungen.
   Maschinen und Geräte für Freizeitausrüstungen.
   Kletteranlagen für Spielplätze.
   Spielplatzausrüstungen.
   Wippen für Spielplätze.
   Tunnel für Spielplätze.
   Sitzreihen für Spielplätze.
   Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Noles A/S
   Brogesvej 18
   7441 Bording
   DÄNEMARK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 95 000 DKK
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   HAGS Danmark
   Lyngbyvej 11, 1. sal
   2100 København Ø
   DÄNEMARK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 200 000 DKK
   Auftrags-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Uniqa A/S
   Industriparken 9
   4640 Faxe
   DÄNEMARK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 231 768 DKK
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Kompan Danmark
   C.F. Tietgens Boulevard 32 C
   5220 Odense SØ
   DÄNEMARK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 400 000 DKK
   ohne MwSt
References
   4. mailto:indkob@mariagerfjord.dk?subject=TED
   5. http://mariagerfjord.dk/
OT: 23/01/2016    S16    - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse om indgåede
   kontrakter - Offentligt udbud
   Danmark-Hobro: Sand
   2016/S 016-023473
   Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
   Bygge- og anlægsarbejder
   Direktiv 2004/18/EF
   Del I: Ordregivende myndighed
   I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
   Mariagerfjord Kommune
   Nordre Kajgade 1
   9500 Hobro
   DANMARK
   Telefon: +45 97113000
   Mailadresse: [6]indkob@mariagerfjord.dk
   Internetadresse(r):
   Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
   [7]http://mariagerfjord.dk
   I.2)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.3)Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester
   I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
   Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders
   vegne: nej
   Del II: Kontraktens genstand
   II.1)Beskrivelse
   II.1.1)Betegnelse for kontrakten
   Renovering af Breum Børnehave og Aakjærskolen.
   II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
   Bygge- og anlægsarbejder
   NUTS-kode DK
   II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
   Bekendtgørelsen vedrører en eller flere kontrakter på grundlag af et
   dynamisk indkøbssystem
   II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
   Skive Kommune ønsker at udbyde følgende 4 separate miniudbud under det
   Dynamiske indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og
   aktiveringsudstyr i Jysk Fællesindkøb.
    Renovering af legeplads ved Breum Børnehave  95 000 DKK eksklusiv
   moms
    Renovering af område 1a ved Aakjærskolen  200 000 DKK eksklusiv moms
    Renovering af område 1b ved Aakjærskolen  250 000 DKK eksklusiv moms
    Renovering af område 1c ved Aakjærskolen  400 000 DKK eksklusiv
   moms.
   II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   14211000, 33682000, 37400000, 37480000, 37535220, 37535200, 37535250,
   37535260, 37535280, 43325000
   II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
   Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
   II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
   II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
   Del IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Offentlig
   IV.2)Tildelingskriterier
   IV.2.1)Tildelingskriterier
   Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
   1. Økonomi. Vægtning 40
   2. Funktionalitet. Vægtning 39
   3. Kvalitet. Vægtning 21
   IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
   Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
   IV.3)Administrative oplysninger
   IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
   IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
   Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem
   Bekendtgørelsens nummer i EUT: [8]2015/S 162-295965 af 22.8.2015
   Del V: Kontrakttildeling
   Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Renovering af Breum Børnehaves legeplads
   V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
   7.10.2015
   V.2)Oplysninger om tilbud
   Antal modtagne bud: 4
   V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
   afgørelse om at indgå kontrakt med
   Noles A/S
   Brogesvej 18
   7441 Bording
   DANMARK
   V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
   Kontraktens endelige samlede værdi:
   Værdi: 95 000 DKK
   Eksklusive moms
   V.5)Oplysninger om underentreprise
   Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
   Kontrakt nr.: 2 Betegnelse: Renovering af eksisterende multibane etape
   1a (ny belægning samt højt net)
   V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
   26.10.2015
   V.2)Oplysninger om tilbud
   Antal modtagne bud: 6
   V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
   afgørelse om at indgå kontrakt med
   HAGS Danmark
   Lyngbyvej 11, 1. sal
   2100 København Ø
   DANMARK
   V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
   Kontraktens endelige samlede værdi:
   Værdi: 200 000 DKK
   V.5)Oplysninger om underentreprise
   Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
   Kontrakt nr.: 3 Betegnelse: Tilbud på renovering af legeplads i grus ø
   på Aakjærskolen
   V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
   26.10.2015
   V.2)Oplysninger om tilbud
   Antal modtagne bud: 5
   V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
   afgørelse om at indgå kontrakt med
   Uniqa A/S
   Industriparken 9
   4640 Faxe
   DANMARK
   V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
   Kontraktens endelige samlede værdi:
   Værdi: 231 768 DKK
   Eksklusive moms
   V.5)Oplysninger om underentreprise
   Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
   Kontrakt nr.: 4 Betegnelse: Tilbud på etablering af klatrestativ på
   Aakjærskolen
   V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
   26.10.2015
   V.2)Oplysninger om tilbud
   Antal modtagne bud: 7
   V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
   afgørelse om at indgå kontrakt med
   Kompan Danmark
   C.F. Tietgens Boulevard 32 C
   5220 Odense SØ
   DANMARK
   V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
   Kontraktens endelige samlede værdi:
   Værdi: 400 000 DKK
   Eksklusive moms
   V.5)Oplysninger om underentreprise
   Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
   Del VI: Supplerende oplysninger
   VI.1)Oplysninger om EU-midler
   Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
   VI.2)Yderligere oplysninger:
   VI.3)Klageprocedurer
   VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   2100 København Ø
   DANMARK
   Mailadresse: [9]klfu@erst.dk
   VI.3.2)Indgivelse af klager
   Præcise oplysninger om klagefrist(er): Indgivelse af klager:
   Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
   6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i
   Den Europæiske Unions Tidende, om at ordregiveren har indgået en
   kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen
   er blevet offentliggjort jf. lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af
   udbudsregler mv. Senest samtidig med at en klage indgives til
   Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren
   om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen
   er afgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde
   hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren
   tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.
   lovens § 12, stk. 1.
   VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   2100 København Ø
   DANMARK
   VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gasöle - FR-Nancy
Gasöle
Dokument Nr...: 23573-2016 (ID: 2016012309050462178)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  FR-Nancy: Gasöle
   2016/S 16/2016 23573
   DELPIA, 15100003100998, 47 rue Sainte Catherine, CS nº 60016, Bureau
   marchés, Zu Händen von: Mme Reuille Christine, Nancy Cedex 54035,
   FRANKREICH. Telefon: +33 383193356. Fax: +33 383193303
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.9.2015, [1]2015/S
   169-307824)
   Betr.:
   CPV:09134000
   Gasöle
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren war erfolglos
   Weitere zusätzliche Informationen
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce n° 15-132815 , mise en ligne le 28.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307824-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 23/01/2016    S16    - - Fournitures - Informations complémentaires -
   Procédure ouverte
   France-Nancy: Gasoils
   2016/S 016-023573
   DELPIA, 15100003100998, 47 rue Sainte Catherine, CS nº 60016, Bureau
   marchés, À l'attention de: Mme Reuille Christine, Nancy Cedex 54035,
   FRANCE. Téléphone: +33 383193356. Fax: +33 383193303
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2.9.2015,
   [1]2015/S 169-307824)
   Objet:
   CPV:09134000
   Gasoils
   Procédure incomplète
   La procédure de passation a été déclarée infructueuse
   Autres informations complémentaires
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce n° 15-132815 , mise en ligne le 28.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gasförmige Brennstoffe - PL-Nowa Ruda
Gasförmige Brennstoffe
Erdgas
Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Transport in Rohrfernleitungen
Dokument Nr...: 23673-2016 (ID: 2016012309063562295)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  PL-Nowa Ruda: Gasförmige Brennstoffe
   2016/S 16/2016 23673
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gmina Miejska Nowa Ruda
   Rynek 1
   Zu Händen von: Mariusz Fleszar
   57-400 Nowa Ruda
   POLEN
   Telefon: +48 748720341
   E-Mail: [4]miasto@um.nowaruda.pl
   Fax: +48 7487202268
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://nowaruda.biuletyn.net/
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09120000, 09123000, 65200000, 60300000
   Beschreibung
   Gasförmige Brennstoffe.
   Erdgas.
   Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste.
   Transport in Rohrfernleitungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:miasto@um.nowaruda.pl?subject=TED
   5. http://nowaruda.biuletyn.net/
OT: 23/01/2016    S16    - - Dostawy - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Nowa Ruda: Paliwa gazowe
   2016/S 016-023673
   Ogoszenie o zamówieniu
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Gmina Miejska Nowa Ruda
   Rynek 1
   Osoba do kontaktów: Mariusz Fleszar
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Tel.: +48 748720341
   E-mail: [6]miasto@um.nowaruda.pl
   Faks: +48 7487202268
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://nowaruda.biuletyn.net/
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: tak
   Miejska Biblioteka Publiczna
   ul. Bohaterów Getta 10
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczenia Europy w Nowej Rudzie
   ul. Mikoaja Kopernika 6
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Gimnazjum nr 2 im. Marii Skodowskiej-Curie w Nowej Rudzie
   ul. Akacjowa 8
   57-402 Nowa Ruda
   POLSKA
   Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
   ul. Kolejowa 18
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Miejski Orodek Kultury w Nowej Rudzie
   ul. Strzelecka 2a
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o.
   ul. Cmentarna 23
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Szkoa Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   ul. Sportowa 1a
   57-400 Nowa Ruda
   POLSKA
   Szkoa Podstawowa nr 7 im. T. Kociuszki w Nowej Rudzie
   ul. Szkolna 3
   57-402 Nowa Ruda
   POLSKA
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i
   dla jednostek organizacyjnych.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Gmina Miejska Nowa Ruda.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   1) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)
   obejmujca sprzeda i dystrybucj do obiektów Zamawiajcego okrelonych
   w zaczniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
   kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013
   r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz.
   942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942,
   poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 2365 z póniejszymi zmianami)
   kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
   podstawie.
   2) Przewidywane zuycie gazu ziemnego w okresie od 1.4.2016 do
   31.12.2017 wynosi 12187448 kWh dla taryf W-3.6, W-4, W-5, W-6.1
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zaczniku nr 1,
   stanowicym integraln cze niniejszej specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia.
   3) Na koszt przedmiotu zamówienia skadaj si: opata za paliwo
   gazowe, opata abonamentowa, opata dystrybucyjna staa i opata
   dystrybucyjna zmienna.
   4) W zwizku z charakterem zamówienia nie mona okreli dokadnego
   zuycia paliwa gazowego objtego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu
   Zamawiajcy przedstawi przewidywaln ilo zuycia. Zamawiajcy
   przewiduje, i rzeczywista ilo zuycia paliwa gazowego moe ulec
   zmianie, tj. zwikszeniu bd zmniejszeniu przy zachowaniu cen
   jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zuycie paliwa gazowego
   nie stanowi dla Zamawiajcego zobowizania do jego zakupu w podanej
   wysokoci.
   5) Zamawiajcy podczony jest do sieci dystrybucyjnej nalecej do
   OSD: informacja zawarta w zaczniku nr 1, stanowicym integraln cz
   niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   6) Wykonawca dokona wszelkich czynnoci i uzgodnie z OSD niezbdnych
   do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego
   rozpoczcia sprzeday paliwa gazowego, w tym w szczególnoci:
   wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgoszenia do OSD
   nowych umów sprzeday paliwa gazowego. Czynnoci te Wykonawca wykona na
   podstawie stosownych penomocnictw udzielonych przez Zamawiajcego wraz
   z zawarciem umów sprzeday paliwa gazowego.
   7) Wykonawca zobowizuje si do przeprowadzenia procedury zmiany
   sprzedawcy paliwa gazowego zgodnie z Instrukcj Ruchu i Eksploatacji
   Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
   8) Dostarczane paliwo gazowe musi spenia standardy techniczne zgodnie
   z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi
   Normami.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   09120000, 09123000, 65200000, 60300000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   2 064 030,66.
   Szacunkowa warto bez VAT: 2 064 030,66 PLN
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: tak
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 31.12.2017
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   1) Wykonawca przystpujcy do postpowania jest zobowizany wnie
   wadium w kwocie: 40 000 PLN.
   2) Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert,
   3) Wadium moe by wniesione w:
   a) pienidzu,
   b) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy
   oszczdnociowo-kredytowej, z tym, e porczenie kasy jest zawsze
   porczeniem pieninym,
   c) gwarancjach bankowych,
   d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
   e) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
   ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
   Przedsibiorczoci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804).
   4) Dowód wniesienia wadium naley zaczy do oferty.
   W przypadku wniesienia wadium w pienidzu Wykonawca winien zaczy do
   oferty orygina lub kopi potwierdzenia wykonania przelewu wadium
   powiadczon za zgodno z oryginaem przez Wykonawc. Dla
   pozostaych form wniesienia wadium wymagane jest zoenie wraz z ofert
   dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty naley doczy (spi z
   ofert) kopi skadanego dokumentu powiadczon za zgodno z
   oryginaem przez Wykonawc. Wykonawca powinien zaczy do oferty
   orygina dokumentu wniesienia wadium w osobnej koszulce, nie spinajc z
   ofert. Zamawiajcy zwracajc wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci
   Wykonawcy orygina dokumentu wniesienia wadium.
   Okres wanoci wadium wniesionego w innej formie ni pienidzu, nie
   moe by krótszy ni okres zwizania ofert. Jeeli wadium wnoszone
   jest w pienidzu, za termin jego wniesienia uwaa si dat i godzin
   wpywu rodków pieninych na konto bankowe Zamawiajcego.
   Wadium wnoszone w pienidzu naley wpaci przelewem z konta Wykonawcy
   na rachunek bankowy Zamawiajcego w GBS nr rachunku: 09 9536 0001 2001
   0010 7868 0004 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na
   Kompleksow dostaw gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i
   dla jednostek organizacyjnych.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Zawarte w projekcie umowy stanowicy zacznik do SIWZ.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy
   speniaj warunki okrelone art.22 ust.1 ustawy, dotyczce:
   1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania.
   Warunek ten zostanie speniony, jeeli Wykonawca wykae, i posiada:
   a) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
   gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydan przez Prezesa Urzdu
   Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy;
   b) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
   gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydan przez Prezesa Urzdu
   Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy- w przypadku
   wykonawców bdcych Wacicielami sieci dystrybucyjnej;
   c) zawart umow generaln z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na
   wiadczenie usug dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje si
   miejsce dostarczania gazu ziemnego- w przypadku Wykonawców nie bdcych
   Wacicielami sieci dystrybucyjnej;
   2) posiadania wiedzy i dowiadczenia:
   a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
   e posiada wiedz i dowiadczenie do wykonania zamówienia. Na
   potwierdzenie spenienia warunku, Wykonawca skada owiadczenie o
   spenianiu warunków udziau w postpowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp
   zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ;
   3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
   zdolnymi do wykonania zamówienia:
   a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
   e dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia.
   Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
   spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt.3 Pzp
   zgodnie z za. nr 3 do SIWZ;
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
   a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy
   ,e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiajcej
   wykonanie zamówienia.
   Na potwierdzenie warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu
   warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp
   zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ.
   O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, który nie podlegaj
   wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. Ocena
   speniania tego warunku nastpi na podstawie:
   1) zoonego owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
   2) zoonego aktualnego odpisu z waciwego rejestru lub z centralnej
   ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne
   przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
   skadania ofert,
   3) zoonego aktualnego zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu
   skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem
   podatków lub zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu  wystawionego nie
   wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert,
   4) zoonego aktualnego zawiadczenia waciwego oddziau Zakadu
   Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenia, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert,
   5) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
   zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy, wystawionej nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
   6) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
   zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   7) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
   zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   W celu wykazania spenienia warunku w postpowaniu dotyczcego braku
   podstaw do wykluczenia wykonawcy z postpowania o udzielenie zamówienia
   w okolicznociach o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp Wykonawca wraz z
   ofert skada list podmiotów nalecych do tej samej grupy
   kapitaowej, albo informacj o tym, e nie naley do grupy kapitaowej.
   Zgodnie z ustaw z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów przez
   grup kapitaow rozumie si przez to wszystkich przedsibiorców,
   którzy s kontrolowani w sposób bezporedni lub poredni przez jednego
   przedsibiorc, w tym równie tego przedsibiorc. Zamawiajcy
   informuje, e zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie
   publicznych wykonawcy podlegaj wykluczeniu, gdy nalec do tej samej
   grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
   konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634 z pón. zm.),
   zoyli odrbne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w tym
   samym postpowaniu, chyba, e wyka, e istniejce pomidzy nimi
   powizania nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy
   wykonawcami w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
   Zamawiajcy dokona oceny speniania warunku na podstawie danych i
   informacji zawartych w zaczonych dokumentach wg formuy spenia lub
   nie spenia
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
   finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
   czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany
   bdzie udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami
   niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w
   tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy
   wykonywaniu zamówienia.
   Ocena spenienia warunków udziau w postpowaniu nastpi przez analiz
   dokumentów i owiadcze okrelonych w punkcie 12-15 niniejszej SIWZ,
   zoonych przez Wykonawców.
   Z treci zaczonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie,
   e w/w warunki Wykonawca speni. Nie wykazanie spenienia
   któregokolwiek ze wskazanych wyej warunków i wymogów skutkowa bdzie
   wykluczeniem Wykonawcy z postpowania z zastrzeeniem art. 26 ust 3.11.
   Warunki udziau w postpowaniu Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
   udzielenie zamówienia
   Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
   W przypadku skadania oferty przez Wykonawców wystpujcych wspólnie,
   Wykonawcy ustanowi penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu
   o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia
   umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   Penomocnictwo moe by przedoone wycznie w formie oryginau lub
   kopii powiadczonej przez notariusza.
   Jeeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia zostaa wybrana, Zamawiajcy moe da przed zawarciem
   umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulujcej
   wspóprac tych wykonawców.
   Wykonawcy wystpujcy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za
   wykonanie umowy. Kady oddzielnie z Wykonawców wystpujcych wspólnie
   nie moe podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust.1
   i 2 Pzp a take musi spenia wymogi, o których mowa w pkt 10 SIWZ z
   tym, e ich wiedza i dowiadczenie, potencja techniczny, osoby zdolne
   do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniane
   bd cznie.
   12. Wykaz Owiadcze lub dokumentów, jakie maja dostarczy wykonawcy w
   celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu.
   1) Owiadczenie Wykonawcy o spenianiu warunków udziau w postpowaniu,
   o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych  wg
   zacznika nr 3 do SIWZ,
   2) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
   gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydan przez Prezesa Urzdu
   Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy,
   3) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
   gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydan przez Prezesa Urzdu
   Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy- w przypadku
   wykonawców bdcych Wacicielami sieci dystrybucyjnej,
   4) zawart umow generaln z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na
   wiadczenie usug dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje si
   miejsce dostarczania gazu ziemnego- w przypadku Wykonawców nie bdcych
   Wacicielami sieci dystrybucyjnej.
   13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
   postpowania o udzielenie zamówienia w okolicznociach o których mowa w
   art. 24 ust. 1 Zamawiajcy da:
   1) Owiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania
   zgodnie z art. 24 ust 1  Wykonawca skada owiadczenie, którego wzór
   stanowi zacznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
   2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji
   i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert;
   3) aktualnego zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
   zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawionego nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   4) aktualnego zawiadczenia waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenia, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   14. W celu wykazania wymogu okrelonego w art. 26 ust. 2 d Pzp
   Wykonawca powinien przedoy:
   1) List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej albo
   informacj o tym, e wykonawca nie naley do tej samej grupy
   kapitaowej (zacznik nr 5).
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: A) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca
   owiadczy ,e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
   umoliwiajcej wykonanie zamówienia.
   Na potwierdzenie warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu
   warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
   zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Na potwierdzenie
   warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu warunków udziau w
   postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zgodnie z zacznikiem
   nr 3 do SIWZ.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   A) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
   e dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia.
   Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
   spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp.
   zgodnie z za. nr 3 do SIWZ.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
   spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp
   zgodnie z za. nr 3 do SIWZ.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   OR.271.1.2016
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Dokumenty odpatne: nie
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 1.3.2016 - 10:15
   Miejscowo:
   Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego  w sali nr 308, ul.
   Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda, w dniu 1.3.2016.
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: tak
   Przewidywany czas publikacji kolejnych ogosze: Padziernik 2017 r.
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587868
   Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcom,
   których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub moe dozna
   uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy,
   przepisów wykonawczych, jak te postanowie niniejszej SIWZ,
   przysuguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
   (art. 179-198).
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   jak w pkt. VI.4.1)
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Operationshandschuhe - CZ-Dobany
Operationshandschuhe
Dokument Nr...: 2373-2016 (ID: 2016010609031839750)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  CZ-Dobany: Operationshandschuhe
   2016/S 3/2016 2373
   Psychiatrická nemocnice v Dobanech, 00669792, ul. Ústavní, Zu Händen
   von: Milan Vrabec, Dobany 334 41, TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420
   377813422. E-Mail: mtz@pld.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 12.12.2015, [1]2015/S
   241-437053)
   Betr.:
   CPV:33141420
   Operationshandschuhe
   Anstatt:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   8.2.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   8.2.2016 (10:15)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   12.2.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   12.2.2016 (10:15)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437053-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 06/01/2016    S3    - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
   ízení
   eská republika-Dobany: Chirurgické rukavice
   2016/S 003-002373
   Psychiatrická nemocnice v Dobanech, 00669792, ul. Ústavní, K rukám:
   Milan Vrabec, Dobany 334 41, ESKÁ REPUBLIKA. Tel.: +420 377813422.
   E-mail: mtz@pld.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 12.12.2015, [1]2015/S
   241-437053)
   Pedmt:
   CPV:33141420
   Chirurgické rukavice
   Namísto:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   8.2.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   8.2.2016 (10:15)
   tte:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   12.2.2016 (10:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   12.2.2016 (10:15)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DE-Hamburg
Arzneimittel
Dokument Nr...: 23773-2016 (ID: 2016012309072662397)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  DE-Hamburg: Arzneimittel
   2016/S 16/2016 23773
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   DAK-Gesundheit
   Nagelsweg 27-31
   Kontaktstelle(n): Strategischer Einkauf und Vergabestelle II  0042 60
   20097 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 402396-2779
   E-Mail: [6]vergabestelle@dak.de
   Fax: +49 402396-3661
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.dak.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   Sozialwesen
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8
   SGB V zum Wirkstoff Mycophenolsäure (magensaftresistent  180/360 mg),
   ATC L04AA06, für die Zeit vom 1.3.2016 bis spätestens zum 28.2.2018.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   NUTS-Code DE
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   § 130a Absatz 8 SGB V ermöglicht den Krankenkassen und pharmazeutischen
   Unternehmen, Rahmenrabattverträge über die zu Lasten der gesetzlichen
   Krankenkassen abzugebenden Arzneimittel zu schließen. In Hinblick auf
   die dafür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Vergabe
   öffentlicher Aufträge, findet ein regelmäßiger Prozess
   wirkstoffbezogener, förmlicher Vergabeverfahren nach den Regularien des
   4. Teils des GWB durch die DAK-Gesundheit statt. Für vom Bieter näher
   in der Anlage 2 zum Vertrag zu benennende Arzneimittel zu dem o. g.
   Wirkstoff (Mycophenolsäure (magensaftresistent  180/360 mg), ATC
   L04AA06) beabsichtigt die DAK-Gesundheit allerdings, bis zum
   In-Kraft-treten neuer Arzneimittelrabattverträge mit möglichst allen,
   zumindest allen interessierten pharmazeutischen Unternehmen
   Arzneimittelrabattverträge abzuschließen. Dabei geht die DAK-Gesundheit
   davon aus, dass dieses Verfahren auf Grund einer fehlenden
   Auswahlentscheidung und mithin der diskriminierungsfreien
   Zugangsmöglichkeit aller pharmazeutischen Unternehmen nicht in den
   Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts fällt. Ein Rabattvertrag
   im Rahmen des Zulassungsmodells tritt erstmals am 1.3.2016 in Kraft und
   endet spätestens am 28.2.2018. Er endet unabhängig davon automatisch
   mit Inkrafttreten des Exklusivvertrages zu o. g. Wirkstoff in Folge
   eines förmlichen Vergabeverfahrens nach den Regularien des 4. Teils des
   GWB mit einem oder mehreren Vertragspartnern. Um der Vielfalt der
   potentiellen Vertragspartner im Rahmen des Zulassungmodells gerecht zu
   werden, wird jedem pharmazeutischen Unternehmen während der
   Vertragslaufzeit der Abschluss eines Rahmenvertrags zu jeder Zeit und
   zu den gleichen Bedingungen ermöglicht. Die hierzu erforderlichen
   Vertragsunterlagen können über folgende E-Mailadresse abgefordert
   werden: [8]vergabestelle@dak.de
   Voraussetzungen für den Abschluss, bzw. den späteren Beitritt zu den
   erstmals am 1.3.2016 in Kraft tretenden Verträgen ist die vollständige
   und rechtzeitige Übersendung folgender Nachweise/Erklärungen/Anlagen
   (erhältlich auf Anforderung bei vorstehender Kontaktstelle:
   [9]Vergabestelle@dak.de) an die nachstehend aufgeführte Kontaktperson
   bei der DAK-Gesundheit:
   1. Angebotsschreiben.
   2. Aktueller Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder
   Handelsregister (nicht älter als 6 Monate bei Versendung) nach Maßgabe
   der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist,
   z.B. aktueller Handelsregisterauszug; Kopie ist ausreichend.
   3. Eigenerklärung des Unternehmens, dass keines der Ausschlusskriterien
   gemäß § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt. Dazu ist die Anlage A1 der
   Bewerbungsbedingungen, zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen
   und im Original mit dem Angebot einzureichen.
   4. Eigenerklärung darüber, dass für diejenigen Arzneimittel, für die
   der Interessent einen Vertrag im Rahmen dieses Verfahrens abschließen
   möchte, eine arzneimittelrechtliche Zulassung besteht und dass der
   Bieter zum Vertragsbeginn zum Vertrieb berechtigt ist. Dazu ist die
   Anlage A2 der Bewerbungsbedingungen zu unterschreiben, mit
   Firmenstempel zu versehen und im Original mit dem Angebot einzureichen.
   5. Anerkennung der vertraglichen Maßgaben der DAK-Gesundheit,
   insbesondere auch der vorgegebenen Rabatte durch Unterzeichnung des mit
   einem Firmenstempel versehenen Vertrages (3-fach im Original) durch den
   Interessenten an der vorgesehenen Stelle.
   6. Die ausgefüllten Anlagen 1 und 2 zum Vertrag (je 3-fach im
   Original). Der Interessent hat hier die Arzneimittel zu dem o.g.
   Wirkstoff einzutragen, welche Vertragsgegenstand werden sollen.
   Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
   ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
   die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
   Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
   [10]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
   Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
   von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
   unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
   Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
   keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
   Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
   Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
   mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
   Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
   auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit,
   unabhängig vom Auftragswert.
   Die Unterlagen sind auf postalischem Weg einzureichen bei:
   DAK-Gesundheit,
   Dr. Claudia Heilig (0032 50),
   Nagelsweg 27-31,
   20097 Hamburg.
   Weiterhin ist die Anlage 2 als Exceldatei zeitgleich an die Mailadresse
   [11]am_rabattvertraege@dak.de zu schicken.
   Verträge im Rahmen dieses Modells und zu o. g. Wirkstoff werden
   erstmalig mit Wirkung zum 1.3.2016 abgeschlossen. Interessenten, die zu
   diesem Termin Vertragspartner werden wollen, haben die o. g.,
   einzureichenden Unterlagen bis zum 5. des Vormonats bei o. g. Stelle
   einzureichen. Es kommt hierbei auf den rechtzeitigen Zugang bei der
   DAK-Gesundheit an. Spätere Beitritte sind jederzeit möglich. Um während
   der Laufzeit des Vertrages zum ersten oder fünfzehnten des Folgemonats
   beitreten zu können, müssen die oben bezeichneten Unterlagen,
   unabhängig vom gewünschten Beitritt, der DAK-Gesundheit bis zum 5. des
   Vormonats vorliegen. Auch hierbei kommt es auf den rechtzeitigen Zugang
   bei der DAK-Gesundheit an.
   Beispiel: Der vom Bieter gewünschte Beitritt soll zum 15.07.20xx
   (Folgemonat) erfolgen, die Unterlagen müssten hierfür bis zum
   05.06.20xx (Vormonat) vorliegen.
   Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgt hier unter Verwendung des
   Formulars für Offene Verfahren. Wie bereits deutlich gemacht, handelt
   es sich hier um ein solches nicht  die Bekanntmachung musste aus
   technischen Gründen verwendet werden, da es kein für
   Zulassungsverfahren passendes Formular gibt.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33600000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: 1. Aktueller Nachweis der Eintragung in das
   Berufs- oder Handelsregister (nicht älter als 6 Monate bei Versendung)
   nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen
   ansässig ist, z. B. aktueller Handelsregisterauszug; Kopie ist
   ausreichend.
   2. Eigenerklärung des Unternehmens, dass keines der Ausschlusskriterien
   gemäß § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt. Dazu ist die Anlage A1 der
   Bewerbungsbedingungen, zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen
   und im Original einzureichen.
   Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
   ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
   die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
   Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
   [12]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
   Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
   von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
   unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
   Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
   keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
   Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
   Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
   mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
   Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
   auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit,
   unabhängig vom Auftragswert.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Eigenerklärung darüber, dass für diejenigen
   Arzneimittel, für die der Interessent den Vertrag im Rahmen dieses
   Verfahrens abschließen möchte, eine arzneimittelrechtliche Zulassung
   besteht und dass der Bieter zum Vertragsbeginn zum Vertrieb berechtigt
   ist. Dazu ist die Anlage A2 der Bewerbungsbedingungen zu
   unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen und im Original
   einzureichen.
   Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
   ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
   die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
   Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
   [13]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
   Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
   von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
   unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
   Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
   keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
   Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
   Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
   mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
   Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
   auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   5.1.2018
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   53123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [14]poststelle@bundeskartellamt.de
   Telefon: +49 22894990
   Internet-Adresse: [15]http://www.bundeskartellamt.de
   Fax: +49 2289499400
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Hinweis: Der erste Zuschlag in diesem Verfahren wird frühestens 10
   Kalendertage nach Veröffentlichung der EU-Bekanntmachung im Amtsblatt
   erteilt.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   53123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [16]poststelle@bundeskartellamt.de
   Telefon: +49 22894990
   Internet-Adresse: [17]http://www.bundeskartellamt.de
   Fax: +49 2289499400
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   18.1.2016
References
   6. mailto:vergabestelle@dak.de?subject=TED
   7. http://www.dak.de/
   8. mailto:vergabestelle@dak.de?subject=TED
   9. mailto:Vergabestelle@dak.de?subject=TED
  10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
  11. mailto:am_rabattvertraege@dak.de?subject=TED
  12. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
  13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
  14. mailto:poststelle@bundeskartellamt.de?subject=TED
  15. http://www.bundeskartellamt.de/
  16. mailto:poststelle@bundeskartellamt.de?subject=TED
  17. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verschiedene Druckerzeugnisse - DE-München
Verschiedene Druckerzeugnisse
Dokument Nr...: 23873-2016 (ID: 2016012309081962498)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  DE-München: Verschiedene Druckerzeugnisse
   2016/S 16/2016 23873
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   MDK Bayern
   Haidenauplatz 1
   Zu Händen von: Melanie Beimler
   81667 München
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8967008216
   E-Mail: [6]melanie.beimler@mdk-bayern.de
   Fax: +49 8967008442
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.mdk-bayen.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Sozialwesen
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Druck- und Buchbindearbeiten.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   München.
   NUTS-Code DE212
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
   Höchstzahl der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten: 5
   Laufzeit der Rahmenvereinbarung
   Laufzeit in Jahren: 4
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Die Ausschreibung beinhaltet folgende Druckaufträge und wird in
   entsprechende Lose aufgeteilt:
   LOS 1 =>Im Los 1 befinden sich folgende Produkte: Block DIN A4 mit MDK
   Logo, Block DIN A5 mit MDK Logo, Block DIN A6 mit MDK Logo, Briefbogen
   MDK, Dauerflyer, Flyer Pflegebegutachtung, Flyer Wir sind für Sie da,
   Handout, Handzettel, Jahresbericht, Karte Abwesenheit,
   Bewertungskarte, Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterzeitung, Namensblock,
   Pflegefragebogen, Pressestimmen, Tischaufsteller, Veranstaltungsflyer,
   Versichertenbefragung, Zertifikate
   LOS 2 => Im Los 2 befinden sich folgende Produkte: Monatskalender,
   Tischquerkalender
   LOS 3 => Im Los 3 befinden sich folgende Produkte: Posterdrucke A0,
   Posterdrucke A2
   LOS 4 => Im Los 4 befindet sich folgendes Produkt: Visitenkarten
   LOS 5 => Im Los 5 befindet sich folgendes Produkt: Kompaktbriefhüllen,
   Versandtaschen mit Aufdruck.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Druck- und Buchbindearbeiten inkl. Versand
   1)Kurze Beschreibung
   Block DIN A4 mit MDK Logo, Block DIN A5 mit MDK Logo, Block DIN A6 mit
   MDK Logo, Briefbogen MDK, Dauerflyer, Flyer Pflegebegutachtung, Flyer
   Wir sind für Sie da, Handout, Handzettel, Jahresbericht, Karte
   Abwesenheit, Bewertungskarte, Mitarbeiterbefragung,
   Mitarbeiterzeitung, Namensblock, Pflegefragebogen, Pressestimmen,
   Tischaufsteller, Veranstaltungsflyer, Versichertenbefragung,
   Zertifikate.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Kalender inkl. Versand
   1)Kurze Beschreibung
   Monatskalender, Tischquerkalender.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 3 Bezeichnung: Poster inkl. Versand
   1)Kurze Beschreibung
   Posterdrucke A0, Posterdrucke A2.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 4 Bezeichnung: Visitenkarten
   1)Kurze Beschreibung
   Visitenkarten.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 5 Bezeichnung: Kompaktbriefhüllen, Versandtaschen mit Aufdruck
   1)Kurze Beschreibung
   Kompaktbriefhüllen, Versandtaschen mit Aufdruck.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22900000
   3)Menge oder Umfang
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Keine Sicherheit, keine Kautionen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Keine.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Mit der Abgabe des Angebots hat der Bieter
   gleichzeitig zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
   Zuverlässigkeit Angeben zu machen.
   Das Fehlen dieser Unterlagen führt zwingend zum Ausschluss aus dem
   Vergabeverfahren!
   Dem Angebot müssen folgende Nachweise beigefügt werden, diese dürfen
   nicht älter als 6 Monate sein (Stichtag ist die Abgabefrist des
   Angebots):
   Nachweis der Eintragung im Berufs- und/oder Handelsregister nach
   Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Bieter ansässig
   ist.
   Bescheinigungen der Berufsgenossenschaft oder einer vergleichbaren
   Einrichtung des jeweiligen Staates darüber, dass der Bieter die
   diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Vorlage eines aktuellen Jahresabschlusses und
   Darlegung des Gesamtumsatzes, der Leistungsart, die Gegenstand der
   Vergabe ist, für die letzten drei Geschäftsjahre. Bescheinigung der
   zuständigen Stellen des jeweiligen Mitgliedsstaates, aus denen
   hervorgeht, dass die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeiträge,
   Steuern und Abgaben nach den Rechtsvor-schriften des Landes der
   Gemeinschaft, in der er ansässig ist erfüllt werden.
   Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde seines Ursprungs-
   oder Herkunftslandes, aus der hervorgeht, dass über das Vermögen des
   Unternehmens nicht das Insolvenzverfahren, das Vergleichsverfahren bzw.
   ein vergleichbares gesetzliches Verfahren er-öffnet wurde und auch
   nicht dessen Eröffnung beantragt worden ist und dass das Unternehmen
   sich nicht in Liquidation befindet.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Nachweis über die Lieferung an vergleichbare Kunden.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   FSC  Zertifizierung (Papier aus verantwortungsvollen Quellen) oder
   gleichwertig
   PSO  Zertifizierung (Der Prozess Standard Offsetdruck) oder
   gleichwertig
   CO^2 Zertifizierung oder gleichwertig
   PEFC-Zertifizierung oder gleichwertig.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   Druck- und Buchbindearbeiten
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   17.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 24.5.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 21.3.2016 - 10:00
   Ort:
   MDK Bayern, Haidenauplatz 1
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Regierung von Oberbayern
   Maximilianstraße 39
   80536 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [8]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Fax: +49 8921762847
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   20.1.2016
References
   6. mailto:melanie.beimler@mdk-bayern.de?subject=TED
   7. http://www.mdk-bayen.de/
   8. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Grundstückspflege - UK-Braintree
Ausrüstung für Grundstückspflege
Dokument Nr...: 23973-2016 (ID: 2016012309092262596)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  UK-Braintree: Ausrüstung für Grundstückspflege
   2016/S 16/2016 23973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Braintree District Council
   Causeway House, Bocking End
   Kontaktstelle(n): Essex Procurement Hub
   CM7 9HB Braintree
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1376551414
   E-Mail: [4]procurement@braintree.gov.uk
   Fax: +44 1376557792
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.braintree.gov.uk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   43325100
   Beschreibung
   Ausrüstung für Grundstückspflege.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 10 000 000 GBP
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ernest Doe & Sons Ltd
   Ulting
   CM9 6QH Maldon
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [6]AndyTurbin@ernestdoe.com
   Telefon: +44 1245383528
   Internet-Adresse: [7]www.ernestdoe.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 10 000 000 GBP
   ohne MwSt
   Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   P Tuckwell Ltd
   Ardleigh Hall, Dedham Road
   CO7 7LG Colchester
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [8]james@tuckwellgroup.com
   Telefon: +44 1206230283
   Internet-Adresse: [9]www.tuckwell.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   TH White Ltd
   Nursteed Road, Wiltshire
   SN10 3EA Devizes
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [10]tjl@thwhite.co.uk
   Telefon: +44 1380722381
   Internet-Adresse: [11]www.thwhite.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   George Browns Implements Ltd
   Grovebury Road, Leighton, Bedfordshire
   LU7 4UX Buzzard
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [12]info@georgebrowns.co.uk
   Telefon: +44 1525372062
   Internet-Adresse: [13]www.georgebrowns.co.uk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lely UK Ltd
   1 Station Road, Cambridgeshire
   PE19 1QH St Neots
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [14]sales.uk@lely.com
   Telefon: +44 1480226800
   Internet-Adresse: [15]www.lely.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:procurement@braintree.gov.uk?subject=TED
   5. http://www.braintree.gov.uk/
   6. mailto:AndyTurbin@ernestdoe.com?subject=TED
   7. http://www.ernestdoe.com/
   8. mailto:james@tuckwellgroup.com?subject=TED
   9. http://www.tuckwell.co.uk/
  10. mailto:tjl@thwhite.co.uk?subject=TED
  11. http://www.thwhite.co.uk/
  12. mailto:info@georgebrowns.co.uk?subject=TED
  13. http://www.georgebrowns.co.uk/
  14. mailto:sales.uk@lely.com?subject=TED
  15. http://www.lely.com/
OT: 23/01/2016    S16    - - Supplies - Contract award notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-Braintree: Grounds-maintenance equipment
   2016/S 016-023973
   Contract award notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Braintree District Council
   Causeway House, Bocking End
   Contact point(s): Essex Procurement Hub
   CM7 9HB Braintree
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1376551414
   E-mail: [6]procurement@braintree.gov.uk
   Fax: +44 1376557792
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.braintree.gov.uk
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: yes
   As specified in Section II.1.4)
   N/A
   UNITED KINGDOM
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Grounds Maintenance Equipment.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   A combination of these
   NUTS code UK
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   Grounds-maintenance equipment. This framework is for the supply of all
   types of grounds maintenance equipment from tractors, gang-mowers,
   mowers, rotavator, chainsaws, strimmers, etc.
   This Framework Agreement as described above is available to all UK
   public bodies. This includes local authorities, educational
   establishments, registered providers and emergency services, NHS
   bodies, central government departments and their agencies and also
   registered charities. See the following websites for details:
   [8]http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/index.htm
   [9]http://www.edubase.gov.uk/EstablishmentFind.aspx
   [10]http://www.schoolswebdirectory.co.uk/localauthorities.php
   [11]http://www.hero.ac.uk/uk/universities___colleges/
   [12]http://www.police-information.co.uk/police-directory/
   [13]http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx
   [14]http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/AZOfCentralGovernment/i
   ndex.htm
   [15]http://www.charity-commission.gov.uk/registeredcharities/first.asp
   [16]http://www.direct.gov.uk/en/DI1/Directories/Localcouncils/AToZOfLoc
   alCouncils/DG_A-Z_LG
   [17]http://www.housingcorp.gov.uk/server/show/nav.490
   [18]http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browser/Labour-Market/
   [19]http://new.wales.gov.uk/?lang=en
   [20]http://www.northernireland.gov.uk/az2.htm
   [21]http://www.police-information.co.uk/police-directory/index.php?cat=
   6&subcat=29 [22]http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs.php
   [23]http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/citizens_advice_offi
   ces.htm
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   43325100
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 10 000 000 GBP
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Price. Weighting 60
   2. Geographical coverage. Weighting 10
   3. Aftersales support. Weighting 10
   4. Technical support. Weighting 10
   5. Range of equipment/units. Weighting 10
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   PROC15-0107
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Contract notice
   Notice number in the OJEU: [24]2015/S 042-071649 of 28.2.2015
   Section V: Award of contract
   Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
   title: National
   V.1)Date of contract award decision:
   23.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Ernest Doe & Sons Ltd
   Ulting
   CM9 6QH Maldon
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [25]AndyTurbin@ernestdoe.com
   Telephone: +44 1245383528
   Internet address: [26]www.ernestdoe.com
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 10 000 000 GBP
   Excluding VAT
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
   title: National
   V.1)Date of contract award decision:
   23.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   P Tuckwell Ltd
   Ardleigh Hall, Dedham Road
   CO7 7LG Colchester
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [27]james@tuckwellgroup.com
   Telephone: +44 1206230283
   Internet address: [28]www.tuckwell.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
   title: National
   V.1)Date of contract award decision:
   23.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   TH White Ltd
   Nursteed Road, Wiltshire
   SN10 3EA Devizes
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [29]tjl@thwhite.co.uk
   Telephone: +44 1380722381
   Internet address: [30]www.thwhite.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
   title: National
   V.1)Date of contract award decision:
   23.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   George Browns Implements Ltd
   Grovebury Road, Leighton, Bedfordshire
   LU7 4UX Buzzard
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [31]info@georgebrowns.co.uk
   Telephone: +44 1525372062
   Internet address: [32]www.georgebrowns.co.uk
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
   title: National
   V.1)Date of contract award decision:
   23.11.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 0
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Lely UK Ltd
   1 Station Road, Cambridgeshire
   PE19 1QH St Neots
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [33]sales.uk@lely.com
   Telephone: +44 1480226800
   Internet address: [34]www.lely.com
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   To view this notice, please click here:
   [35]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=1847
   37057
   GO Reference: GO-2016121-PRO-7609451.
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermögensversicherungen - UK-Glasgow
Vermögensversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Berufshaftplichtversicherungen
Unfallversicherungen
Maschinenbetriebsversicherungen
Kraftfahrzeugversicherungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Veruntreuungsversicherungen
Dokument Nr...: 24073-2016 (ID: 2016012309102262692)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  UK-Glasgow: Vermögensversicherungen
   2016/S 16/2016 24073
   Milnbank Housing Association Ltd, 53 Ballindalloch Drive, c/o Bruce
   Stevenson Insurance Brokers, Zu Händen von: Steven Young, Glasgow G31
   3DQ, VEREINIGTES KÖNIGREICH. Telefon: +44 1413544487. Fax: +44
   1413543888. E-Mail: steven.young@brucestevenson.co.uk
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
   250-458396)
   Betr.:
   CPV:66515200, 66516000, 66516500, 66512100, 66519200, 66514110,
   66000000, 66515411
   Vermögensversicherungen
   Haftpflichtversicherungen
   Berufshaftplichtversicherungen
   Unfallversicherungen
   Maschinenbetriebsversicherungen
   Kraftfahrzeugversicherungen
   Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
   Veruntreuungsversicherungen
   Anstatt:
   IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
   documents or descriptive document:
   18.1.2016
   muss es heißen:
   IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
   documents or descriptive document:
   5.2.2016
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458396-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 23/01/2016    S16    - - Services - Additional information - Open
   procedure
   United Kingdom-Glasgow: Property insurance services
   2016/S 016-024073
   Milnbank Housing Association Ltd, 53 Ballindalloch Drive, c/o Bruce
   Stevenson Insurance Brokers, For the attention of: Steven Young,
   Glasgow G31 3DQ, UNITED KINGDOM. Telephone: +44 1413544487. Fax: +44
   1413543888. E-mail: steven.young@brucestevenson.co.uk
   (Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.12.2015,
   [1]2015/S 250-458396)
   RE:
   CPV:66515200, 66516000, 66516500, 66512100, 66519200, 66514110,
   66000000, 66515411
   Property insurance services
   Liability insurance services
   Professional liability insurance services
   Accident insurance services
   Engineering insurance services
   Motor vehicle insurance services
   Financial and insurance services
   Pecuniary loss insurance services
   Instead of:
   IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
   documents or descriptive document:
   18.1.2016
   Read:
   IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
   documents or descriptive document:
   5.2.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Umfragen - FR-Nantes
Umfragen
Dokument Nr...: 24173-2016 (ID: 2016012309111562792)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  FR-Nantes: Umfragen
   2016/S 16/2016 24173
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Nantes Métropole
   2 cours du Champ de Mars
   Zu Händen von: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 9
   FRANKREICH
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   Weitere Auskünfte erteilen: Nantes Métropole
   Direction de la circulation, 5 rue de Saverne
   Zu Händen von: Anne-Sophie Maurice
   44923 Nantes Cedex 9
   E-Mail: [5]anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr
   Fax: 02 40 99 56 72
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Nantes Métropole
   Direction de la commande publique  service des marchés  immeuble
   Valmy  11 avenue Carnot  ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
   Zu Händen von: Laure Talguen
   44923 Nantes Cedex 9
   Telefon: 02 40 99 23 78
   Fax: 02 40 99 62 40
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Nantes Métropole
   Direction de la commande publique  service des marchés  immeuble
   Valmy  11 avenue Carnot  ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
   44923 Nantes Cedex 9
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79311000
   Beschreibung
   Umfragen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
   Sonstige: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
   langue française ainsi que les documents de présentation associés ou
   accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
   l'original par un traducteur assermenté.
References
   4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
   5. mailto:anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr?subject=TED
OT: 23/01/2016    S16    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   France-Nantes: Services d'études
   2016/S 016-024173
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Nantes Métropole
   2 cours du Champ de Mars
   À l'attention de: Mme la présidente
   44923 Nantes Cedex 9
   FRANCE
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Nantes Métropole
   Direction de la circulation, 5 rue de Saverne
   À l'attention de: Anne-Sophie Maurice
   44923 Nantes Cedex 9
   E-mail: [7]anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr
   Fax: 02 40 99 56 72
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Nantes Métropole
   Direction de la commande publique  service des marchés  immeuble
   Valmy  11 avenue Carnot  ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
   À l'attention de: Laure Talguen
   44923 Nantes Cedex 9
   Téléphone: 02 40 99 23 78
   Fax: 02 40 99 62 40
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Nantes Métropole
   Direction de la commande publique  service des marchés  immeuble
   Valmy  11 avenue Carnot  ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
   44923 Nantes Cedex 9
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   Environnement
   Affaires économiques et financières
   Logement et équipements collectifs
   Autre: Transports, voirie
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Réalisation d'études de circulation sur le territoire de Nantes
   Métropole  marché à bons de commande.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 10: Services d'études de marché et de sondages
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Territoire de Nantes Métropole.
   Code NUTS FR511
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   Durée de laccord-cadre
   Durée en années: 4
   Estimation de la valeur totale des acquisitions pour lensemble de la
   durée de laccord-cadre
   Fréquence et valeur des marchés à attribuer: Marché à bons de commande
   avec minimum et maximum:
    pour la période initiale de 2 ans: mini: 62 500 EUR HT / maxi: 167
   000 EUR HT;
    pour chaque période de reconduction d'un an: mini: 31 250 EUR HT /
   maxi: 167 000 EUR HT.
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Les études de circulation ont pour objectif de répondre à des
   questionnements sur un périmètre local en allant jusqu'à la commune, et
   en intégrant tous les modes de déplacements. Les études de circulation
   sont une aide à la décision. Elles doivent donc comporter des éléments
   de comparaison et lister des avantages / inconvénients des différentes
   solutions.
   Elles doivent être force de propositions et doivent explorer
   différentes hypothèses pour atteindre les objectifs (plans de
   circulation, aménagements classiques et/ou innovants).
   Les aménagements, les plans de circulation ... apportent du changement
   dans les habitudes de déplacements et, peut-être, des contraintes de
   circulation. Les objectifs des études sont d'accompagner ces
   changements et de proposer des solutions (aménagements et/ou adaptation
   du plan de circulation principalement) pour que ces changements soient
   les moins pénalisants possibles pour tous les modes de déplacement.
   Le rééquilibrage du partage des voies induit d'autres utilisations des
   voies adjacentes qu'il faut également anticiper et accompagner.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   79311000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Garantie à première demande pour le versement de l'avance.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Modalités de paiement: articles 86 à 111 du code des marchés publics.
   Décret 2013-269 du 29.3.2013.
   modalités de financement: ressources propres Nantes Métropole.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Critère de sélection des candidats: capacités
   professionnelles, techniques et financières.
   Situation juridique:
   L'imprimé Dc1 (lettre de candidature, anciennement formulaire DC 4)
   dûment rempli et signé doit obligatoirement être fourni à l'appui de la
   candidature, que celle-ci soit présentée à titre individuel ou en
   groupement.
   Pour fournir les renseignements demandés, le candidat peut utiliser le
   formulaire DC 2 (anciennement formulaire Dc5) ou équivalent.
   Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
   judiciaire (cadre D2 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document).
   Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour
   engager le candidat (cadre C1 du Dc2 à remplir si utilisation de ce
   document).
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et
   le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat,
   réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cadre D1 du
   document Dc2 à remplir si utilisation de ce document).
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
    Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières
   années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
   privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
   du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
   économique (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout
   document complémentaire);
    Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour
   chacune des 3 dernières années (en annexe au Dc2 si utilisation de ce
   document et tout document complémentaire).
   La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment
   par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
   travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
   prestation pour laquelle il se porte candidat.
   Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
   financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie
   pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
   concernant cet opérateur économique que ceux exigés pour lui par le
   pouvoir adjudicateur. En outre, il apporte la preuve qu'il disposera de
   ces capacités pour l'exécution du marché.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
   descriptif
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   16FA001
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   1.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   Autre: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
   langue française ainsi que les documents de présentation associés ou
   accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
   l'original par un traducteur assermenté.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Rubrique II.3  la date d'attribution du contrat s'entend comme la date
   de notification.
   Date prévisionnelle du début des prestations: avril 2016
   Le marché est conclu pour une période initiale de 2 ans à compter de sa
   notification.
   Il pourrait être reconduit 2 fois par périodes successives d'un an,
   selon les conditions visées au CCAP.
   Le présent accord-cadre est un marché à bons de commandes au sens du
   droit français.
   Adresse de consultation, de téléchargement et de réponse par voie
   électronique: [8]https://marchespublics.nantesmetropole.fr
   La transmission électronique des candidatures et des offres n'est pas
   obligatoire.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée Île Gloriette, BP 24111
   44000 Nantes Cedex 01
   E-mail: [9]greffe.ta-nantes@juradm.fr
   Téléphone: (+33) 2 40 99 46 00
   Fax: (+33) 2 40 99 46 58
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Nantes
   6 allée Île Gloriette, BP 24111
   44000 Nantes Cedex 01
   E-mail: [10]greffe.ta-nantes@juradm.fr
   Téléphone: (+33) 2 40 99 46 00
   Fax: (+33) 2 40 99 46 58
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden - FR-Paris
Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
Dokument Nr...: 24273-2016 (ID: 2016012309122762901)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  FR-Paris: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
   2016/S 16/2016 24273
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Paris Habitat  OPH
   21 bis rue Claude Bernard
   Zu Händen von: M. le directeur général de Paris Habitat  OPH
   75253 Paris
   FRANKREICH
   Telefon: +33 171370000
   Fax: +33 171370014
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]http://www.parishabitatoph.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Paris Habitat
   Soit par voir postale: Paris Habitat-OPH  direction des affaires
   juridiques et des marchés  a l'attention du service Marchés  21 bis
   rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 03., soit dépôt sur place: Paris
   Habitat OPH  à l'attention du service marchés  service courrier  26
   rue Broca, 75005 Paris. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9:00
   à 16:00, après présentation du récepissé annexé au dossier de
   candidature
   Zu Händen von: Direction des affaires juridiques et des marchés
   75005 Paris
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71221000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   23.2.2016 - 16:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. http://www.parishabitatoph.fr/
   5. http://marches-publics.parishabitatoph.fr/
OT: 23/01/2016    S16    - - Services - Avis de marché - Procédure
   négociée
   France-Paris: Services d'architecte pour les bâtiments
   2016/S 016-024273
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Paris Habitat  OPH
   21 bis rue Claude Bernard
   À l'attention de: M. le directeur général de Paris Habitat  OPH
   75253 Paris
   FRANCE
   Téléphone: +33 171370000
   Fax: +33 171370014
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [6]http://www.parishabitatoph.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [7]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Paris Habitat
   Soit par voir postale: Paris Habitat-OPH  direction des affaires
   juridiques et des marchés  a l'attention du service Marchés  21 bis
   rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 03., soit dépôt sur place: Paris
   Habitat OPH  à l'attention du service marchés  service courrier  26
   rue Broca, 75005 Paris. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9:00
   à 16:00, après présentation du récepissé annexé au dossier de
   candidature
   À l'attention de: Direction des affaires juridiques et des marchés
   75005 Paris
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Agence/office régional(e) ou local(e)
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération d'amélioration thermique et
   de requalification des espaces extérieurs et parties communes du groupe
   immobilier Meaux Armand Carrel composé de 425 logements à Paris 19ème.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
   d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
   urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
   scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La présente consultation porte sur les études et le suivi de travaux à
   réaliser dans le cadre d'une opération de travaux d'amélioration
   thermique et de requalification des espaces extérieurs du groupe
   immobilier Meaux Armand Carrel.
   la mission confiée au maître d'oeuvre sera constituée d'une mission de
   base, étendue aux études de diagnostic, au sens du décret n°93.1268 du
   29.11.93 à laquelle pourront être associées quelques missions
   complémentaires.
   A ce stade de passation, seule la compétence d'un architecte est
   requise.
   Le candidat peut présenter une candidature unique, avec un ou des sous
   traitants, ou sous forme de groupement. Compte tenu de l'objet de la
   consultation, le candidat peut s'adjoindre les compétences
   complémentaires qu'il juge utile. Ces compétences pourront être sous
   traitées ultérieurement à des Bet soumis à l'approbation du maître
   d'ouvrage. Leur rémunération sera comprise dans la proposition de
   rémunération de l'architecte pour la prestation complète de maîtrise
   d'oeuvre. La mission débutera dans le courant du 1er semestre 2016.
   Une visite du site et des négociations avec les 4 candidats retenus à
   l'issue de la phase de sélection des candidatures seront organisées.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   71221000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Le groupe immobilier Meaux Armand Carrel est composé de 8 bâtiments
   allant du R+5 au R+10 et comprenant 425 logements.
   Les travaux du programme comprennent:
    Travaux d'amélioration thermique (amélioration de l'enveloppe, de la
   production de chaleur, de la ventilation.Remise en état des parties
   communes et amélioration de la sécurité incendie.Remise en état des
   ouvrages dégradés, identifiés à l'issue du diagnostic)
    Requalification des espaces extérieurs (amélioration de la qualité de
   service, amélioration paysagère et amélioration de la sécurité du
   site).
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options: Il existe une option au sens du droit
   communautaire, à savoir d'éventuels achat susceptibles d'être effectués
   dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en
   concurrence.
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Avance: aucune avance ne sera accordée au titulaire.
   Retenue de garantie: aucune retenue de garantie ne sera appliquée au
   titulaire.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Ressources extérieures publiques (Ville de Paris)et ressources propres.
   Virement à 30 jours.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Le justificatif à produire obligatoirement est le
   formulaire intitulé « lettre de candidature  habilitation du
   mandataire par ses cotraitants»  Référencé DC1 (dernière version en
   vigueur)
   le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché
   plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat
   individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de
   membre de plusieurs groupements.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Les justificatifs à produire obligatoirement sont:
   1- le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers
   exercices disponibles à indiquer sur le cadre spécifique A3
   pour justifier de ses capacités économiques et financières, le candidat
   peut demander que soient également prises en compte les capacités
   économiques et financières d'autres opérateurs économiques (selon les
   modalités précisées dans le règlement de la consultation).
   2- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
   prononcés.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature les références
   dans le cadre spécifique A3 transmis dans le dossier de candidature
   téléchargeable sur le site AWS.
   les références fournies devront permettre de démontrer la capacité du
   candidat à:
    développer un projet architectural dans un cadre patrimonial et
   paysagé
    gérer un projet environnemental à l'approche innovante et le recours
   aux Enr.
    gérer un projet en milieu occupé
   les éléments à fournir sont les suivants:
   sur un A3,2 références en rapport avec l'objet de la consultation. Le
   candidat fera état des moyens humains, du CA et de la composition de
   l'équipe.Le candidat peut demander que soient également prises en
   compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs
   économiques.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : oui
   références des dispositions législatives, réglementaires ou
   administratives applicables: Architecte inscrit à l'ordre des
   architectes.
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée
   Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
   de certains types de procédures négociées) non
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   Nombre dopérateurs envisagé: 4
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Montant provisoire de la rémunération. Pondération 60
   2. Valeur technique de l'offre. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   2015/221
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   23.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.3)Informations complémentaires
   Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt
   sur [8]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
   unité monétaire utilisée, l'euro.Les candidats peuvent retirer
   gratuitement le DCE par voie électronique sur le profil acheteur de
   Paris Habitat  Oph. Un mode d'emploi est à la disposition des
   candidats sur le site.
   sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il
   est demandé aux candidats de communiquer au minimum un numéro de
   téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette exigence a pour
   objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec
   le candidat concerné en cas de modification et/ou d'information sur la
   procédure.
   il est attendu des candidats une réponse par envoi électronique sur le
   profil acheteur de Paris Habitat  OPH. Le candidat qui choisit de
   communiquer sa candidature et son offre par envoi électronique doit
   s'identifier.
   toutefois, les candidatures et les offres des candidats qui utiliseront
   un autre mode de transmission (support papier ou support physique
   électronique) ne seront pas pour autant refusées. Les candidats doivent
   appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents.
   dans le cas d'une transmission sur support papier: les candidats
   adresseront leur dossier en un exemplaire (un original) sous pli fermé,
   garantissant sa confidentialité, qui mentionnera les coordonnées de
   Paris Habitat  OPH précisées ci-dessous et les renseignements
   suivants: Mosc. ne pas ouvrir. Réf. "aapc": 2015/221 objet: Mosc groupe
   immobilier Meaux Armand Carrel à Paris 19ème / Nom du candidat (en cas
   de groupement, nom de tous les membres): Les plis seront envoyés sous
   pli recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé aux
   adresses précitées. 2-Transmission par envoi électronique: les pièces
   exigées au titre de la candidature doivent être déposées dans le
   fichier de réponse dématérialisé relatif à la candidature avant la date
   et l'heure limites de réception des candidatures. A l'appui de l'envoi
   électronique de sa candidature, le candidat a la faculté de transmettre
   à Paris Habitat  OPH, une copie de sauvegarde sur support physique
   électronique (clé usb...) ou sur support papier dans les délais
   impartis pour la remise des candidatures. 3-Transmission par support
   physique électronique (cd-rom...): Les pièces exigées au titre de la
   candidature doivent être présentées sur un support de réponse relatif à
   la candidature avant la date et l'heure limites de réception. La
   transmission se fera sous forme de pli scellé sur lequel figurera,
   outre les mentions prévues à celles d'un envoi papier, la mention
   "support physique électronique". Le pli devra être remis à Paris
   Habitat  OPH dans des conditions identiques à la transmission papier.
   Dans les cas 2) et 3), les documents sont signés au moyen d'un
   certificat de signature électronique, garantissant l'identification du
   candidat. Ce certificat doit être conforme au référentiel
   intersectoriel de sécurité et référencé sur une liste établie par le
   ministre chargé de la réforme de l'État. A défaut les candidatures
   transmises seront rejetées. Le certificat doit être détenu par une
   personne ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la
   présente consultation. Les fichiers transmis ayant pour extension
   ".exe" ne seront pas acceptés. Les fichiers ayant les extensions
   suivantes:".doc", ".xls", ".pdf" sont recommandés. Les fichiers ".zip"
   sont acceptés. Les plaquettes déjà fournies au titre d'une précédente
   consultation n'ont pas à être intégrées au dossier de candidature.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris
   FRANCE
   E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris
   FRANCE
   E-mail: [10]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Heizanlage - BE-Wavre
Heizanlage
Dokument Nr...: 24373-2016 (ID: 2016012309131363002)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  BE-Wavre: Heizanlage
   2016/S 16/2016 24373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Province du Brabant wallon  Parc des Collines  bâtiment Archimède
   Place du Brabant wallon 1 (anciennement Avenue Einstein 2)
   1300 Wavre
   BELGIEN
   Weitere Auskünfte erteilen: Service de gestion des infrastructures et
   du Patrimoine Bâtis
   Parc de la Noire Epine  Avenue Edison 12
   Kontaktstelle(n): Monsieur Florent Delarbre
   1300 Wavre
   BELGIEN
   Telefon: +32 10236263
   E-Mail: [4]florent.delarbre@brabantwallon.be
   Fax: +32 10236281
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Service de gestion des infrastructures et du patrimoine
   Bâtis
   Parc de la Noire Epine  Avenue Edison 12
   Kontaktstelle(n): Monsieur Florent Delarbre
   1300 Wavre
   BELGIEN
   Telefon: +32 10236263
   E-Mail: [5]florent.delarbre@brabantwallon.be
   Fax: +32 10236281
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Voir cahier spécial
   des charges
   BELGIEN
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45232141
   Beschreibung
   Heizanlage.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 1.3.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   8.3.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:florent.delarbre@brabantwallon.be?subject=TED
   5. mailto:florent.delarbre@brabantwallon.be?subject=TED
OT: 23/01/2016    S16    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   Belgique-Wavre: Installations de chauffage
   2016/S 016-024373
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Province du Brabant wallon  Parc des Collines  bâtiment Archimède
   Place du Brabant wallon 1 (anciennement Avenue Einstein 2)
   1300 Wavre
   BELGIQUE
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Service de gestion des infrastructures et du Patrimoine
   Bâtis
   Parc de la Noire Epine  Avenue Edison 12
   Point(s) de contact: Monsieur Florent Delarbre
   1300 Wavre
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 10236263
   E-mail: [6]florent.delarbre@brabantwallon.be
   Fax: +32 10236281
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Service de gestion des infrastructures et du patrimoine Bâtis
   Parc de la Noire Epine  Avenue Edison 12
   Point(s) de contact: Monsieur Florent Delarbre
   1300 Wavre
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 10236263
   E-mail: [7]florent.delarbre@brabantwallon.be
   Fax: +32 10236281
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Voir cahier spécial des charges
   BELGIQUE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Maintenance préventive, corrective et évolutive des systèmes HVAC.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: PBW.
   Code NUTS BE310
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché a pour objet la maintenance préventive, corrective et
   évolutive des Installations HVAC et de purification de l'eau réparties
   pour une durée de base de 24 mois dans les 150 bâtiments des sites
   provinciaux. Le marché peut être reconduit une fois pour une durée de
   deux ans.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45232141
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Systèmes HVAC de 150 bâtiments (170 000 m²).
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options: Conformément à l'article 37 § 2 du
   15.6.2006, le marché peut être reconduit une fois pour une durée de
   deux ans. Cette reconduction aura lieu de manière implicite sauf
   résiliation adressée par recommandé à l'adjudicataire dans les 2 mois
   précédent l'échéance du terme.
   La non reconduction du marché n'ouvre pas le droit à une quelconque
   indemnité en faveur de l'adjudicataire.
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à
   la dizaine supérieure).
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Article 61 de l'arrêté royal du 15.7.2011
   Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché,
   le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas
   d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15.7.2011 relatif
   à la passation des marchés dans les secteurs classiques.
   L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la
   conclusion du marché (soit sa notification), le Pouvoir adjudicateur
   invitera l'adjudicataire pressenti à produire un extrait récent du
   casier judiciaire.
   Le caractère récent de ce document est établi dans la mesure où il date
   de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.
   L'adjudicataire pressenti dispose au maximum d'un délai de huit jours
   calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour
   produire le document requis.
   L'attention du soumissionnaire est également attirée sur le fait que le
   Pouvoir adjudicateur se procurera lui-même, par voie électronique, les
   documents suivants:
    Pour l'adjudicataire pressenti: une attestation récente du greffe du
   tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que
   l'adjudicataire pressenti n'est pas en situation de faillite, de
   concordat judiciaire ou de liquidation ainsi que l'attestation ONSS
   dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matières de
   cotisations sociales.
   Dans le cas d'un soumissionnaire non-belge, ce dernier fournira un
   certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné attestant
   que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au
   paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de
   l'article 62§2 de l'arrêté royal du 15.7.2011.
   Dans le cas d'un groupement (association momentanée, sociétés civiles,
   etc.), le Pouvoir adjudicateur se procurera le document concerné pour
   l'ensemble des personnes physiques ou morales constituant ce
   groupement.
   Document 1A: pour l'ensemble des soumissionnaires = l'attestation dont
   il résulte qu'ils sont en ordre en matière de paiement de leurs impôts
   et taxes.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Cf. conditions requises en matière d'agréation.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Agréation requise: D17
   (Chauffage central, installations thermiques), Classe 4.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Cf. conditions requises en matière d'agréation.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
   Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques),
   Classe 4.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
   réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
   offres à négocier non
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   PBW 15_006
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
   aux documents: 1.3.2016
   Documents payants: oui
   Prix: 10 EUR
   Modalités de paiement: Cahier spécial des charges
   S'il souhaite acquérir les documents de soumission, le soumissionnaire
   est invité à verser la somme de 20 EUR TVAC sur le compte IBAN: BE69
   0910 1110 1778 code BIC GKCCBEBB de la Province du Brabant wallon, avec
   en communication l'objet du marché.
   La délivrance des documents de soumission après leur paiement est
   effectuée, au choix du soumissionnaire, de l'une des manières
   suivantes:
    Afin d'accélérer l'envoi postal des documents, le soumissionnaire
   faxe la preuve de son paiement à l'agent traitant et attend que ces
   documents lui soient envoyés par le pouvoir adjudicateur;
    Le soumissionnaire vient chercher les documents auprès de l'agent
   traitant après avoir préalablement convenu d'un rendez-vous avec lui et
   muni de la preuve de paiement.
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   8.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Date: 8.3.2016 - 14:00
   Lieu:
   Vinci, Avenue Edison 12 à 1300 Wavre
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Visite du site requise:
   La visite de deux sites témoins est obligatoire (JOD_TIR, NIV_MALG).
   Deux dates de visite sont fixées: la première 7 jours ouvrables après
   la publication, la deuxième aura lieu 12 jours ouvrables après la
   publication du marché. Chaque date porte sur la visite des 2 sites
   témoins. La personne de contact est Monsieur Frédéric Lecomte
   (010/23.62.90 ou au 0471/49.87.49).
   Si un soumissionnaire souhaite visiter un autre site outre les 2 sites
   obligatoires, celui-ci doit prendre contact avec Monsieur Lecomte.
   Remarque importante: par la remise de son offre, le soumissionnaire
   reconnait l'avoir rédigé en parfaite connaissance, d'une part, de
   l'état technique des équipements à entretenir et, d'autre part, de leur
   localisation et leurs contraintes en termes d'accessibilité.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - ES-Barcelona
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Dokument Nr...: 24473-2016 (ID: 2016012309141963084)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  ES-Barcelona: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
   2016/S 16/2016 24473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de
   Territorio y Sostenibilidad
   c/ Provença, 204-208
   Zu Händen von: Susanna Franquesa
   08036 Barcelona
   SPANIEN
   Telefon: +34 935672800
   E-Mail: [4]sfranquesa@gencat.cat
   Fax: +34 934881688
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09000000
   Beschreibung
   Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
   Energiequellen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 871 068,66 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   OMS Sacede, S.A.U.
   SPANIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:sfranquesa@gencat.cat?subject=TED
   5. http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
OT: 23/01/2016    S16    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
   España-Barcelona: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
   otras fuentes de energía
   2016/S 016-024473
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Servicios
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de
   Territorio y Sostenibilidad
   c/ Provença, 204-208
   A la atención de: Susanna Franquesa
   08036 Barcelona
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 935672800
   Correo electrónico: [6]sfranquesa@gencat.cat
   Fax: +34 934881688
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador:
   [7]http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Organismo de Derecho público
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Medio ambiente
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Primera prórroga del servicio de explotación, censervación y
   mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos en
   la estación depuradora de aguas residuales de Montonés del Vallès.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Servicios
   Categoría de servicio nº 16: Servicios de alcantarillado y eliminación
   de desperdicios; servicios de saneamiento y servicios similares
   Código NUTS ES511
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Primera prórroga del servicio de explotación, censervación y
   mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos en
   la estación depuradora de aguas residuales de Montonés del Vallès.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   09000000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 871 068,66 EUR
   IVA excluido
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
   licitación
   Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
   un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (DOUE):
   Directiva 2004/18/CE
   1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
   publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
   dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
   Obras/servicios nuevos, que consisten en una repetición de
   obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones
   estrictas establecidas en la Directiva.
   Se trata de una prorroga de contrato.
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se ha realizado una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   CTN1500923
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   no
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   16.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   OMS Sacede, S.A.U.
   ESPAÑA
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.2)Información adicional:
   Se trata de la prórroga de un contrato.
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Órgano Administrativo de Recursos de Catalunya
   Via Laietana, 14
   08003 Barcelona
   ESPAÑA
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   Agencia Catalana del Agua
   08006 Barcelona
   ESPAÑA
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Projektaufsicht und Dokumentation - PL-Siemianowice lskie
Projektaufsicht und Dokumentation
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Dokument Nr...: 24573-2016 (ID: 2016012309151463189)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  PL-Siemianowice lskie: Projektaufsicht und Dokumentation
   2016/S 16/2016 24573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gmina Siemianowice lskie
   ul. Jana Pawa II nr 10
   Zu Händen von: Alojzy Grzesiek
   41-100 Siemianowice lskie
   POLEN
   Telefon: +48 32766-00-00
   E-Mail: [4]trk@mpgkim.com.pl
   Fax: +48 32766-01-04
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.um.siemianowice.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71248000, 71240000
   Beschreibung
   Projektaufsicht und Dokumentation.
   Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
   planungsbezogene Leistungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Niedrigstes Angebot 66 850 und höchstes Angebot 157 440 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:trk@mpgkim.com.pl?subject=TED
   5. http://www.um.siemianowice.pl/
OT: 23/01/2016    S16    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Siemianowice lskie: Nadzór nad projektem i dokumentacj
   2016/S 016-024573
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Gmina Siemianowice lskie
   ul. Jana Pawa II nr 10
   Osoba do kontaktów: Alojzy Grzesiek
   41-100 Siemianowice lskie
   POLSKA
   Tel.: +48 32766-00-00
   E-mail: [6]trk@mpgkim.com.pl
   Faks: +48 32766-01-04
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.um.siemianowice.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: tak
   Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spóka
   z o.o.
   41-100 Siemianowice lskie
   POLSKA
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu Poprawa
   efektywnoci energetycznej w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice
   lskie.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
   zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
   krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
   technicznych; usugi bada i analiz technicznych
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Siemianowice lskie.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dokumentacji
   projektowej dla projektu pn. Poprawa efektywnoci energetycznej w
   budynkach bdcych wasnoci Gminy Siemianowice lskie
   2. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia okrela Dodatek nr 8 do SIWZ
   3. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zamówienia
   powinna posiada uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa
   na dzie przekazania Prowadzcemu postpowanie przedmiotu umowy, w
   zakresie niezbdnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego
   4. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
   z wymogami okrelonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej,
   obowizujcymi przepisami i normami a w szczególnoci z zachowaniem
   Polskich Norm, przenoszcych normy europejskie lub normy innych pastw
   czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych te
   normy.
   5.Prowadzcy postpowanie informuje, e zamierza wspófinansowa ze
   rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na
   lata 2014-2020.
   6.Prowadzcy postpowanie zastrzega sobie moliwo uniewanienia
   niniejszego postpowania, jeeli rodki pochodzce z budetu Unii
   Europejskiej, które Prowadzcy postpowanie zamierza przeznaczy na
   sfinansowanie caoci lub czci zamówienia, nie zostan mu przyznane.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   71248000, 71240000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Najnisza oferta 66 850 i najwysza oferta 157 440 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena oferty. Waga 80
   2. Termin wykonania zamówienia. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   ZP-MPGKiM/22/XII/2014
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2014/S 238-419151 z dnia 10.12.2014
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Signalgeneratoren - CZ-Ostrava
Signalgeneratoren
Sender-Empfänger
Datendienste
Dokument Nr...: 24673-2016 (ID: 2016012309160963293)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  CZ-Ostrava: Signalgeneratoren
   2016/S 16/2016 24673
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
   45193673
   Nádraní 28/3114
   Kontaktstelle(n): vermova 1269, Ostrava-Mariánské Hory
   Zu Händen von: Ing. Grill Ivo
   729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 597475541
   E-Mail: [4]grill.ivo@ovak.cz
   Fax: +420 597475526
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]https://www.ovak.cz
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
   Weitere Auskünfte erteilen: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
   45193673
   Nádraní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
   Kontaktstelle(n): vermova 1269, Ostrava-Mar.Hory
   Zu Händen von: Ing. Peter Ostrák
   729 71 Ostrava
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 602267442
   E-Mail: [7]ostrak.peter@ovak.cz
   Fax: +420 597475515
   Internet-Adresse: [8]https://www.ovak.cz
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Ostravské vodárny a
   kanalizace a.s.
   Nádraní 28/3114
   Kontaktstelle(n): podatelna spolenosti
   Zu Händen von: paní Fojtíková
   729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 597475106
   E-Mail: [9]grill.ivo@ovak.cz
   Fax: +420 596118217
   Internet-Adresse: [10]https://www.ovak.cz
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34999100, 31711110, 72300000
   Beschreibung
   Signalgeneratoren.
   Sender-Empfänger.
   Datendienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   14.3.2016 - 12:30
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Tschechisch.
References
   4. mailto:grill.ivo@ovak.cz?subject=TED
   5. https://www.ovak.cz/
   6. https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
   7. mailto:ostrak.peter@ovak.cz?subject=TED
   8. https://www.ovak.cz/
   9. mailto:grill.ivo@ovak.cz?subject=TED
  10. https://www.ovak.cz/
OT: 23/01/2016    S16    - - Dodávky - Oznámení zadávacího ízení -
   Otevené ízení
   eská republika-Ostrava: Mící vysílae
   2016/S 016-024673
   Oznámení o zakázce  veejné sluby
   Dodávky
   Smrnice 2004/17/ES
   Oddíl I: Zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
   45193673
   Nádraní 28/3114
   Kontaktní místo: vermova 1269, Ostrava-Mariánské Hory
   K rukám: Ing. Grill Ivo
   729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 597475541
   E-mail: [6]grill.ivo@ovak.cz
   Fax: +420 597475526
   Internetové adresy:
   Obecná adresa zadavatele: [7]https://www.ovak.cz
   Adresa profilu kupujícího:
   [8]https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
   Dalí informace lze získat: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
   45193673
   Nádraní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
   Kontaktní místo: vermova 1269, Ostrava-Mar.Hory
   K rukám: Ing. Peter Ostrák
   729 71 Ostrava
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 602267442
   E-mail: [9]ostrak.peter@ovak.cz
   Fax: +420 597475515
   Internetová adresa: [10]https://www.ovak.cz
   Zadávací dokumentaci a dalí dokumenty (vetn dokument k dynamickému
   nákupnímu systému) lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
   Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány: Ostravské vodárny a
   kanalizace a.s.
   Nádraní 28/3114
   Kontaktní místo: podatelna spolenosti
   K rukám: paní Fojtíková
   729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 597475106
   E-mail: [11]grill.ivo@ovak.cz
   Fax: +420 596118217
   Internetová adresa: [12]https://www.ovak.cz
   I.2)Hlavní pedmt innosti
   Vodohospodáství
   I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatel
   Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce zadavatelem:
   Dálkové odety.
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Dodávky
   Koup
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
   Ostrava.
   Kód NUTS CZ080
   II.1.3)Informace o veejné zakázce, rámcové smlouv nebo dynamickém
   nákupním systému (DNS)
   II.1.4)Informace o rámcové smlouv
   II.1.5)Struný popis zakázky nebo nákupu():
   Pedmtem plnní veejné zakázky je dodávka vysíla a pijíma pro
   zajitní rádiového dálkového odetu vodomr v rámci zadavatelem
   provozovaného území, vetn jejich písluenství a doklad, které se k
   nim vztahují a poskytování slueb spoívajících ve sbru, zpracovávání,
   vyhodnocování, evidenci a pedávání dat spojených s dálkovými odety
   vodomr pro zadavatele, a to po dobu od 1.5.2016 (pípadn od data
   uzavení smlouvy, dojde-li k nmu pozdji) a do 31.12.2024.
   II.1.6)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   34999100, 31711110, 72300000
   II.1.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
   II.1.8)Informace o ástech zakázky
   Rozdlení zakázky na ásti: ne
   II.1.9)Informace o variantách
   Budou pijímány varianty: ne
   II.2)Mnoství nebo rozsah zakázky
   II.2.1)Celkové mnoství nebo rozsah:
   Uvete odhadovanou hodnotu bez DPH: 25 000 000 CZK
   II.2.2)Informace o opcích
   II.2.3)Informace o obnovení zakázek
   II.3)Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení
   Zahájení 1.5.2016 Dokonení 31.12.2024
   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
   III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.1.1)Poadované zálohy a záruky:
   Zadavatel poaduje, aby uchaze k zajitní svých povinností
   vyplývajících z úasti v zadávacím ízení poskytl jistotu ve smyslu §
   67 zákona. Výe jistoty je stanovena na ástku 500 000 CZK.
   III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
   na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatel, jim bude
   zakázka zadána:
   III.1.4)Dalí zvlátní podmínky:
   Plnní zakázky podléhá zvlátním podmínkám: ne
   III.2)Podmínky úasti
   III.2.1)Profesní kvalifikaní pedpoklady dodavatel, vetn poadavk
   týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstících
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Profesní kvalifikaní pedpoklady dle § 54 písm. a) zákona o veejných
   zakázkách . 136/2007 Sb. v platném znní. Uchaze pedloí výpis z
   obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné
   evidence, pokud je v ní zapsán.
   III.2.2)Ekonomická a finanní zpsobilost
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Ekonomická a finanní zpsobilost splnit veejnou zakázku dle § 50
   odst. 1 písm. c) zákona  uchaze pedloí estné prohláení o své
   ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku.
   III.2.3)Technická zpsobilost
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Seznam min. 1 významné dodávky realizovaných uchazeem s uvedením
   jejich rozsahu a doby plnní zpsobem dle § 56 odst. 1 písmeno a)
   zákona, s limitem pro splnní kvalifikace:
   A) nejmén 1 obdobná zakázka, splnná v posledních 3 letech, týkající
   se dálkového odetu mitel energií, jejím pedmtem byla dodávka min
   celkem 5 000 ks vysíla a min 20 ks pijíma a správa penesených dat
   sbíraných z min 5 000 ks vysíla po dobu alespo 1 roku; nebo alespo
   B) 1 obdobná zakázka, splnná v posledních 3 letech, týkající se
   dálkového odetu midel energií, jejím pedmtem byla dodávka min
   celkem 5 000 ks vysíla a 20 ks pijíma, a souasn alespo obdobná
   zakázka, splnná v posledních 3 letech, jejím pedmtem byla správa
   penesených dat sbíraných z min 5 000 ks vysíla po dobu alespo 1
   roku.
   Existence funkní sluby on-line pístupu do informaního systému
   uchazee pro správu dat a datového uloit (sluby) s dostupností 7x
   24 hod. v týdnu. A dále dle zadávací dokumentace.
   III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
   III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na sluby
   III.3.1)Informace o vyhrazení urité profesi
   III.3.2)Zamstnanci odpovdní za provedení sluby
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   Nejnií nabídková cena
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Bude pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené zadavatelem:
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   ne
   IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalích dokument (s
   výjimkou DNS)
   Dokumentace za úplatu: ne
   IV.3.4)Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast
   14.3.2016 - 12:30
   IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo ádosti o
   úast vypracovány
   etina.
   IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán
   dnech: 120 (od uplynutí lhty pro podání nabídek)
   IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek
   Datum: 14.3.2016 - 12:40
   Osoby, které jsou oprávnny být pítomny pi otevírání nabídek: ano
   lenové komise, zástupci zadavatele a oprávnní zástupci uchazee.
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o opakování zakázek
   Jde o opakovanou zakázku: ne
   VI.2)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.3)Dalí informace:
   Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 5 zákona vyhrazuje právo zruit
   zadávací ízení, a to nejpozdji do uzavení smlouvy na veejnou
   zakázku.
   VI.4)Odvolací ízení
   VI.4.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [13]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [14]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.4.2)Podání odvolání
   Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
   návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
   15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
   napadá. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné
   doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
   námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
   námitkách nerozhodl.
   VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte - FR-Aix-en-Provence
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Reproduktionsgeräte
Reparatur von Fotokopiergeräten
Fotokopierer
Wartung von Fotokopiergeräten
Wartung und Reparatur von Büromaschinen
Dokument Nr...: 2473-2016 (ID: 2016010609044139847)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  FR-Aix-en-Provence: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
   2016/S 3/2016 2473
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Société du Canal de Provence
   CS 70064 Le Tholonet
   Zu Händen von: Abraham Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   FRANKREICH
   Telefon: +33 442667768
   E-Mail: [4]guy.abraham@canal-de-provence.com
   Weitere Auskünfte erteilen: Société du Canal de Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   Zu Händen von: Sabatier Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Telefon: +33 442667115
   E-Mail: [5]bernard.sabatier@canal-de-provence.com
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Société du Canal de Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   Zu Händen von: Dallard Guillaume
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Telefon: +33 442666763
   E-Mail: [6]guillaume.dallard@canal-de-provence.com
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Société du Canal de
   Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   Zu Händen von: Abraham Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Telefon: +33 442666768
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30120000, 30121300, 50313100, 30121100, 50313200
   Beschreibung
   Fotokopier- und Offsetdruckgeräte.
   Reproduktionsgeräte.
   Reparatur von Fotokopiergeräten.
   Fotokopierer.
   Wartung von Fotokopiergeräten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   25.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:guy.abraham@canal-de-provence.com?subject=TED
   5. mailto:bernard.sabatier@canal-de-provence.com?subject=TED
   6. mailto:guillaume.dallard@canal-de-provence.com?subject=TED
OT: 06/01/2016    S3    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Aix-en-Provence: Photocopieurs et matériel d'impression offset
   2016/S 003-002473
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Société du Canal de Provence
   CS 70064 Le Tholonet
   À l'attention de: Abraham Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   FRANCE
   Téléphone: +33 442667768
   E-mail: [6]guy.abraham@canal-de-provence.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Société du Canal de Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   À l'attention de: Sabatier Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Téléphone: +33 442667115
   E-mail: [7]bernard.sabatier@canal-de-provence.com
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Société du Canal de Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   À l'attention de: Dallard Guillaume
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Téléphone: +33 442666763
   E-mail: [8]guillaume.dallard@canal-de-provence.com
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Société du Canal de Provence
   CS 70064  Le Tholonet
   À l'attention de: Abraham Guy-Noël
   13182 Aix-en-Provence Cedex 5
   Téléphone: +33 442666768
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   Autre: Service d'aménagements hydrauliques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Location de photocopieurs multifonctions
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Location
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Périmètre de la société du Canal de
   Provence.
   Code NUTS FR82
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Déploiement d'un parc de photocopieurs numériques multifonctions pour
   les besoins des services de la société du Canal de Provence.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   30120000, 30121300, 50313100, 30121100, 50313200
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.1.8)Lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
    50 photocopieurs couleur/noir et blanc (multifonctions),
    2 photocopieurs professionnels (couleur et noir et blanc).
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   Information sur les lots
   Lot nº: 1 Intitulé: Copieurs multifonctions
   1)Description succincte
   Ensemble de copieurs multifonctions couleur ou noir & blanc.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   30120000, 30121300, 50310000, 50313200
   3)Quantité ou étendue
   50.
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 2 Intitulé: Copieurs professionnels de reprographie
   1)Description succincte
   Copieurs professionnels de reprographie pour l'atelier du siège du
   Tholonet.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   30120000
   3)Quantité ou étendue
   2.
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   5)Information complémentaire sur les lots
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Pas de cautionnement ou de retenue de garantie.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Financement sur fonds propres.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Groupement solidaire.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: DC1 et DC2.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
    référence(s) de services similaires de déploiement de parcs de
   photocopieurs de taille comparable,
    liste des moyens techniques: déclaration précisant l'outillage, le
   matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
   réalisation de marchés de même nature,
    description technique des moyens et mesures employées,
    certificat(s) de qualifications professionnelles.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Prix. Pondération 70
   2. Valeur technique. Pondération 30
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   DCE 2175
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   25.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.3)Informations complémentaires
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance
   6 rue Joseph Autran
   13281 Marseille
   Téléphone: +33 491155050
   Fax: +33 491544290
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal de grande instance
   6 rue Joseph Autran
   13281 Marseille
   Téléphone: +33 491155050
   Fax: +33 491544290
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Öffentlicher Verkehr (Straße) - DE-Potsdam
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 24773-2016 (ID: 2016012309172463390)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
  DE-Potsdam: Öffentlicher Verkehr (Straße)
   2016/S 16/2016 24773
   Bekanntmachung eines Prüfungssystems  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb ja
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Brandenburg (Süd): Öffentlicher Nahverkehr (Straße)
   Babelsberger Str. 16
   Kontaktstelle(n): DB Regio Bus Ost GmbH, Bayern Express & P. Kühn
   Berlin GmbH
   Zu Händen von: Matthias Scholz, Christian Burisch
   14473 Potsdam
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 0331-235-6952 / +49 0331-235-6955
   E-Mail: [6]vergabestelle-dro@deutschebahn.com
   Fax: +49 069-265-36236
   Weitere Auskünfte erteilen die oben genannten Kontaktstellen
   Weitere Unterlagen verschicken die oben genannten Kontaktstellen
   Teilnahmeanträge oder Bewerbungen sind zu richten an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Haupttätigkeit(en)
   Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
   I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
   Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Gegenstand des Prüfungssystems
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
   Subunternehmerleistungen im Busverkehr.
   II.2)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 2: Landverkehr [2], einschließlich
   Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr
   II.3)Beschreibung der Bauleistungen, Dienstleistungen oder Waren, die
   durch ein Prüfungssystem beschafft werden sollen:
   Busverkehrsleistungen als Subunternehmerleistungen im südlichen Teil
   des Bundeslandes Brandenburg:
   Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, kreisfreie
   Stadt Cottbus.
   II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60112000
   II.5)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Qualifizierung für das System:
   Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre
   Qualifikation erfüllen müssen: Der Bewerber muss mit seinem Antrag
   erklären, für welche unter der Ziffer II.3) genannten Regionen er sich
   qualifizieren möchte. Der Bewerber muss darüber hinaus mit seinem
   Antrag folgende Unterlagen einreichen:
   1) Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate);
   im Falle der gesetzlich zulässigen Nichteintragung muss die Anmeldung
   des Gewerbes nachgewiesen werden.
   2) Eigenerklärung des Bewerbers, dass zum Zeitpunkt des Antrags über
   das Vermögen des Bewerbers weder ein Insolvenzverfahren noch ein
   vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet wurde oder ein Antrag
   auf ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde;
    der Bewerber sich nicht in Liquidation befindet;
    im Gewerbezentralregisterauszug kein Eintragungen bestehen, die gegen
   die Zuverlässigkeit des Bewerberssprechen;
    der Bewerber nicht gegen seine gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von
   Steuern, Beiträgen zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken und
   Arbeitslosenversicherung) sowie zur Berufsgenossenschaft verstößt;
    weder der Bewerber noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen
   zuzurechnen ist, wegen Verstoßes gegen eine der folgenden Vorschriften
   oder vergleichbaren Straftatbestände anderer Staatenrechtskräftig
   verurteilt worden ist:
   a) §§ 129, 129a oder 129b des Strafgesetzbuchs,
   b) §§ 333 oder 334 des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit Artikel
   2 § 1 des EU-Bestechungsgesetzesvom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II
   S. 2340), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 21.Juli
   2004 (BGBl. I S. 1763) geändert worden ist, Artikel 2 § 1 des Gesetzes
   zur Bekämpfung InternationalerBestechung vom 10. September 1998 (BGBl.
   1998 II S. 2327; 1999 II S. 87), § 1 Absatz 2 Nummer 10 des
   NATO-Truppen-Schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
   März 2008 (BGBl. I S. 490), § 2des Gesetzes über das Ruhen der
   Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und
   Bedienstetendes Internationalen Strafgerichtshofes vom 21. Juni 2002
   (BGBl. I S. 2144, 2162),
   c) § 299 des Strafgesetzbuches,
   d) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler
   Bestechung,
   e) § 108e des Strafgesetzbuches,
   f) § 264 des Strafgesetzbuches,
   g) § 261 des Strafgesetzbuches;
   3.) Name und berufliche Qualifikation des Verkehrsleiters nach Art. 4
   VO (EG) 1071/2009;
   4). Erklärung des Bewerbers über Referenzen über vom Bewerber in den
   letzten 3 Jahren erbrachte Verkehre im ÖPNV.
   Der Auftraggeber behält sich vor, bedarfsgerechte Wirtschaftsauskünfte
   einzuholen und bei der späterenVergabe von Aufträgen zusätzliche bzw.
   weitergehende Anforderungen aufzustellen.
   III.1.2)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt V: Verfahren
   IV.1)Zuschlagskriterien
   IV.1.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung aufgeführt sind
   IV.1.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
   IV.2.2)Dauer der Gültigkeit des Prüfungssystems
   Unbestimmte Dauer
   IV.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Das Prüfungssystem wird verlängert: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   52123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
   Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach
   Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 114 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die
   Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe
   der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach
   Absendung der Vergabeentscheidung per Post (§ 101a GWB).
   Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass
   die geltend gemachten Vergabeverstöße unverzüglich nach Kenntnis bzw. 
   soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den
   Vergabeunterlagen erkennbar sind  bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw.
   Angebotsfrist gerügt wurden (§ 107 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1-3 GWB).
   Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15
   Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
   nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4
   GWB). Des Weiteren wird auf die in § 101 b Abs. 2 GWB genannten Fristen
   verwiesen.
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   52123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   19.1.2016
References
   6. mailto:vergabestelle-dro@deutschebahn.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Derby: - UK-Derby
Verpflegungsdienste für Schulen
Dokument Nr...: 24873-2016 (ID: 2016012609014863676)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  UK-Derby:
   2016/S 17/2016 24873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Beaufort Primary School
   Hampshire Road
   Derby
   DE21 6BT
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Kontaktstelle(n): The Litmus Partnership Ltd
   Telefon: +44 1276-673880
   E-Mail: [6]pqq@litmuspartnership.co.uk
   NUTS-Code: UKF11
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.beaufort.derby.sch.uk
   I.1)Name und Adressen
   Derwent Community School
   St Mark's Road
   Derby
   DE21 6AL
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Kontaktstelle(n): The Litmus Partnership Ltd
   Telefon: +44 1276-673880
   E-Mail: [8]pqq@litmuspartnership.co.uk
   NUTS-Code: UKF11
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [9]http://derwent.derby.sch.uk/
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [10]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
   t_community_schools
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Bildung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   55524000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The successful tenderer will be required to provide catering services
   at Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
   The catering contract being offered will commence on Monday, 31.10.2016
   for an initial period of 3 years, concluding on Friday, 1.11.2019, and
   will be offered on a guaranteed performance basis, with a service on
   each of the 190 full academic days.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: UKF11
   Hauptort der Ausführung:
   Beaufort Primary School and Derwent Community School, Derby, United
   Kingdom.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Both schools are currently served by the same catering contractor.
   School dinners offer a nutritionally balanced menu and include a salad
   bar. The latest menu is on a 3-weekly cycle and includes a roast dinner
   twice a week. Children are offered milk every lunchtime. We have been
   awarded the Healthy Schools Award and participate in the Free Fruit for
   Schools Scheme. Children in the Foundation Stage and Key Stage 1 are
   encouraged to have a piece of fruit each day. Other children may
   purchase a healthy snack at playtime or bring a piece of fruit or
   cereal bar to eat during playtime. All children have access to drinking
   water each day. Cold water dispensers are provided in school and
   bottles may be purchased from the office or brought in from home.
   The schools are located within 0,6 miles of each other.
   The successful contractor is expected to have a strong local presence,
   as specialist caterers in the Primary School sector.
   The contract covers the scope for the provision of catering services
   within the schools, which currently includes lunch, all hospitality and
   free issue requirements. Free school meals and hospitality will be
   charged based on consumption. Each school currently manages its own
   breakfast club and intends to continue to do so. Neither school has a
   morning break.
   The schools expect the successful contractor to enable the continued
   development of catering through the provision of an innovative, healthy
   food service, prepared on-site, in the well-designed and equipped
   kitchens.
   Both schools intend to focus heavily on healthy, fresh, seasonal,
   locally sourced produce and see the catering service as an exciting
   opportunity to complement the overall uptake, student and parent
   experience, through the regular introduction of new ingredients, themed
   and promotional events. The successful contractor will be required to
   play their part in acting as a catalyst for improvement of the pupil
   experience.
   The Senior Leadership Team and Governors have identified improved
   Value for Money as a priority to parents and this is perceived as key
   to encourage an increased uptake of the overall catering service
   provided. The successful contractor will work closely with the schools
   to manage the provision of catering and the overall meal experience,
   with pupil education on making healthy dietary choices being an
   important part of their educational experience.
   The vision of Senior Leadership and Governors at both schools is that
   all children choose to eat and enjoy a healthy school dinner with 100 %
   uptake of free school meals. Good quality and varied menu options plus
   value for money are perceived as key to encourage an increased uptake
   of the overall catering service provided. The successful contractor
   will work closely with the schools to manage the provision of catering
   and the overall meal experience, with pupil education on making
   healthy dietary choices being an important part of their educational.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   Wert ohne MwSt.: 180 000.00 GBP
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 31/10/2016
   Ende: 01/11/2019
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 5
   Höchstzahl: 10
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken
   forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers
   meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards
   will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers
   meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will
   proceed to the tender stage.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Nichtoffenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 11/03/2016
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 08/04/2016
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Interest in the pre-qualification process should be expressed via email
   only to [11]pqq@litmuspartnership.co.uk clearly stating within this
   email which contract / notice you are referring to. Please also
   provide, as a minimum, a contact name, full company postal address and
   telephone number.
   The pre-qualification questionnaire and associated documents can be
   obtained at:
   [12]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
   t_community_schools
   The closing date for receipt of the Pre-Qualification Questionnaire is
   11.3.2016 (12:00). Tenderers are required to ensure that documents are
   obtained and returned to The Litmus Partnership Limited, by email to
   [13]pqq@litmuspartnership.co.uk by the above closing date and time.
   Documents in respect of economic / financial standing (where indicated
   in the Pre-Qualification Questionnaire) shall be returned to The Litmus
   Partnership Limited, by email to [14]pqq@litmuspartnership.co.uk by the
   above closing date and time.
   It will be the Tenderer's responsibility to obtain any necessary
   documents in order to submit a response by the closing date and time.
   The contracting authority reserves the right not to award any or part
   of the contract which is the subject of this OJEU notice and reserves
   the right to terminate the procurement process at any time.
   The contracting authority will not be liable for any costs incurred by
   those expressing an interest in tendering for this contract
   opportunity.
   The contracting authority will consider variant bids, evaluating them
   (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the
   opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as
   a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in
   preference to a conforming bid even if the variant bid scores more
   highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously
   submits a conforming bid.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Beaufort Primary and Derwent Community Schools
   Derby
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   22/01/2016
References
   6. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
   7. http://www.beaufort.derby.sch.uk/
   8. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
   9. http://derwent.derby.sch.uk/
  10. http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwent_community_schools
  11. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
  12. http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwent_community_schools
  13. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
  14. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
OT: 26/01/2016    S17    - - Services - Contract notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-Derby: School catering services
   2016/S 017-024873
   Contract notice
   Services
   Directive 2014/24/EU
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name and addresses
   Beaufort Primary School
   Hampshire Road
   Derby
   DE21 6BT
   UNITED KINGDOM
   Contact person: The Litmus Partnership Ltd
   Telephone: +44 1276-673880
   E-mail: [6]pqq@litmuspartnership.co.uk
   NUTS code: UKF11
   Internet address(es):
   Main address: [7]http://www.beaufort.derby.sch.uk
   I.1)Name and addresses
   Derwent Community School
   St Mark's Road
   Derby
   DE21 6AL
   UNITED KINGDOM
   Contact person: The Litmus Partnership Ltd
   Telephone: +44 1276-673880
   E-mail: [8]pqq@litmuspartnership.co.uk
   NUTS code: UKF11
   Internet address(es):
   Main address: [9]http://derwent.derby.sch.uk/
   I.2)Joint procurement
   The contract involves joint procurement
   I.3)Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full
   direct access, free of charge, at:
   [10]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
   t_community_schools
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Tenders or requests to participate must be submitted to the
   abovementioned address
   I.4)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.5)Main activity
   Education
   Section II: Object
   II.1)Scope of the procurement
   II.1.1)Title:
   Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
   II.1.2)Main CPV code
   55524000
   II.1.3)Type of contract
   Services
   II.1.4)Short description:
   The successful tenderer will be required to provide catering services
   at Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
   The catering contract being offered will commence on Monday, 31.10.2016
   for an initial period of 3 years, concluding on Friday, 1.11.2019, and
   will be offered on a guaranteed performance basis, with a service on
   each of the 190 full academic days.
   II.1.5)Estimated total value
   II.1.6)Information about lots
   This contract is divided into lots: no
   II.2)Description
   II.2.1)Title:
   II.2.2)Additional CPV code(s)
   II.2.3)Place of performance
   NUTS code: UKF11
   Main site or place of performance:
   Beaufort Primary School and Derwent Community School, Derby, United
   Kingdom.
   II.2.4)Description of the procurement:
   Both schools are currently served by the same catering contractor.
   School dinners offer a nutritionally balanced menu and include a salad
   bar. The latest menu is on a 3-weekly cycle and includes a roast dinner
   twice a week. Children are offered milk every lunchtime. We have been
   awarded the Healthy Schools Award and participate in the Free Fruit for
   Schools Scheme. Children in the Foundation Stage and Key Stage 1 are
   encouraged to have a piece of fruit each day. Other children may
   purchase a healthy snack at playtime or bring a piece of fruit or
   cereal bar to eat during playtime. All children have access to drinking
   water each day. Cold water dispensers are provided in school and
   bottles may be purchased from the office or brought in from home.
   The schools are located within 0,6 miles of each other.
   The successful contractor is expected to have a strong local presence,
   as specialist caterers in the Primary School sector.
   The contract covers the scope for the provision of catering services
   within the schools, which currently includes lunch, all hospitality and
   free issue requirements. Free school meals and hospitality will be
   charged based on consumption. Each school currently manages its own
   breakfast club and intends to continue to do so. Neither school has a
   morning break.
   The schools expect the successful contractor to enable the continued
   development of catering through the provision of an innovative, healthy
   food service, prepared on-site, in the well-designed and equipped
   kitchens.
   Both schools intend to focus heavily on healthy, fresh, seasonal,
   locally sourced produce and see the catering service as an exciting
   opportunity to complement the overall uptake, student and parent
   experience, through the regular introduction of new ingredients, themed
   and promotional events. The successful contractor will be required to
   play their part in acting as a catalyst for improvement of the pupil
   experience.
   The Senior Leadership Team and Governors have identified improved
   Value for Money as a priority to parents and this is perceived as key
   to encourage an increased uptake of the overall catering service
   provided. The successful contractor will work closely with the schools
   to manage the provision of catering and the overall meal experience,
   with pupil education on making healthy dietary choices being an
   important part of their educational experience.
   The vision of Senior Leadership and Governors at both schools is that
   all children choose to eat and enjoy a healthy school dinner with 100 %
   uptake of free school meals. Good quality and varied menu options plus
   value for money are perceived as key to encourage an increased uptake
   of the overall catering service provided. The successful contractor
   will work closely with the schools to manage the provision of catering
   and the overall meal experience, with pupil education on making
   healthy dietary choices being an important part of their educational.
   II.2.5)Award criteria
   Price is not the only award criterion and all criteria are stated only
   in the procurement documents
   II.2.6)Estimated value
   Value excluding VAT: 180 000.00 GBP
   II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic
   purchasing system
   Start: 31/10/2016
   End: 01/11/2019
   This contract is subject to renewal: no
   II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be
   invited
   Envisaged minimum number: 5
   Maximum number: 10
   Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
   A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken
   forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers
   meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards
   will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers
   meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will
   proceed to the tender stage.
   II.2.10)Information about variants
   Variants will be accepted: yes
   II.2.11)Information about options
   Options: no
   II.2.12)Information about electronic catalogues
   II.2.13)Information about European Union funds
   The procurement is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   II.2.14)Additional information
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions for participation
   III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   III.1.2)Economic and financial standing
   Selection criteria as stated in the procurement documents
   III.1.3)Technical and professional ability
   Selection criteria as stated in the procurement documents
   III.1.5)Information about reserved contracts
   III.2)Conditions related to the contract
   III.2.1)Information about a particular profession
   III.2.2)Contract performance conditions:
   III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the
   contract
   Section IV: Procedure
   IV.1)Description
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted procedure
   IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system
   IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or
   tenders during negotiation or dialogue
   IV.1.6)Information about electronic auction
   IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
   IV.2)Administrative information
   IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
   IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   Date: 11/03/2016
   IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to
   participate to selected candidates
   Date: 08/04/2016
   IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be
   submitted:
   English
   IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.2.7)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about electronic workflows
   VI.3)Additional information:
   Interest in the pre-qualification process should be expressed via email
   only to [11]pqq@litmuspartnership.co.uk clearly stating within this
   email which contract / notice you are referring to. Please also
   provide, as a minimum, a contact name, full company postal address and
   telephone number.
   The pre-qualification questionnaire and associated documents can be
   obtained at:
   [12]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
   t_community_schools
   The closing date for receipt of the Pre-Qualification Questionnaire is
   11.3.2016 (12:00). Tenderers are required to ensure that documents are
   obtained and returned to The Litmus Partnership Limited, by email to
   [13]pqq@litmuspartnership.co.uk by the above closing date and time.
   Documents in respect of economic / financial standing (where indicated
   in the Pre-Qualification Questionnaire) shall be returned to The Litmus
   Partnership Limited, by email to [14]pqq@litmuspartnership.co.uk by the
   above closing date and time.
   It will be the Tenderer's responsibility to obtain any necessary
   documents in order to submit a response by the closing date and time.
   The contracting authority reserves the right not to award any or part
   of the contract which is the subject of this OJEU notice and reserves
   the right to terminate the procurement process at any time.
   The contracting authority will not be liable for any costs incurred by
   those expressing an interest in tendering for this contract
   opportunity.
   The contracting authority will consider variant bids, evaluating them
   (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the
   opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as
   a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in
   preference to a conforming bid even if the variant bid scores more
   highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously
   submits a conforming bid.
   VI.4)Procedures for review
   VI.4.1)Review body
   Beaufort Primary and Derwent Community Schools
   Derby
   UNITED KINGDOM
   VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
   VI.4.3)Review procedure
   VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be
   obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   22/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Kindergärten - SE-Göteborg
Bauarbeiten für Kindergärten
Bauleistungen im Hochbau
Oberbauarbeiten
Installation von elektrischen Leitungen
Installation von Aufzügen
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Baufertigstellung
Installation von Lenk- und Steuersystemen
Dokument Nr...: 24973-2016 (ID: 2016012609025363775)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  SE-Göteborg: Bauarbeiten für Kindergärten
   2016/S 17/2016 24973
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
   Box 5163
   Zu Händen von: Lennart Forsberg
   SE-402 26 Göteborg
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]lennart.forsberg@lf.goteborg.se
   Weitere Auskünfte erteilen: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [5]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: TendSign
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45214100, 45210000, 45236000, 45310000, 45313100, 45330000, 45331000,
   45400000, 51900000
   Beschreibung
   Bauarbeiten für Kindergärten.
   Bauleistungen im Hochbau.
   Oberbauarbeiten.
   Installation von elektrischen Leitungen.
   Installation von Aufzügen.
   Installateurarbeiten.
   Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
   Baufertigstellung.
   Installation von Lenk- und Steuersystemen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:lennart.forsberg@lf.goteborg.se?subject=TED
   5. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
   6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
   7. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
OT: 26/01/2016    S17    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling
   - Öppet förfarande
   Sverige-Göteborg: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
   2016/S 017-024973
   Meddelande om upphandling
   Byggentreprenader
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
   Box 5163
   Att: Lennart Forsberg
   SE-402 26 Göteborg
   SVERIGE
   E-post: [6]lennart.forsberg@lf.goteborg.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
   SVERIGE
   Internetadress: [9]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Nolehultsvägens förskola.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Byggentreprenader
   Genomförande, oavsett form, som tillgodoser de krav som de upphandlande
   myndigheterna specificerat
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Göteborg.
   NUTS-kod SE232
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Nybyggnation av 8 avdelningars förskola i 2 plan.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   45214100, 45210000, 45236000, 45310000, 45313100, 45330000, 45331000,
   45400000, 51900000
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   16/7
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   1.3.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 1.6.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Datum: 2.3.2016 - 0:00
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   VI.2)Information om EU-medel
   VI.3)Kompletterande information
   Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=ubtwcszt
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FR-Paris
Bauarbeiten
Innenausstattungsgegenstände
Mauerwerksarbeiten
Quadersteinarbeiten
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Elektroinstallationsarbeiten
Installation von Brandmeldeanlagen
Installation von Hebe- und Fördervorrichtungen, außer Aufzügen und Rolltreppen
Dokument Nr...: 25073-2016 (ID: 2016012609042763873)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  FR-Paris: Bauarbeiten
   2016/S 17/2016 25073
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   OPPIC
   30 rue du Château des Rentiers, CS 61336
   Zu Händen von: Mme la présidente de l'OPPIC
   75647 Paris Cedex 13
   FRANKREICH
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.oppic.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000 - IA27, 44115800
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   Innenausstattungsgegenstände.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. http://www.oppic.fr/
   5. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 26/01/2016    S17    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Paris: Travaux de construction
   2016/S 017-025073
   Avis de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   OPPIC
   30 rue du Château des Rentiers, CS 61336
   À l'attention de: Mme la présidente de l'OPPIC
   75647 Paris Cedex 13
   FRANCE
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [6]http://www.oppic.fr
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Loisirs, culture et religion
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   Établissement public du château, du musée et du domaine national de
   Versailles
   Château de Versailles, RP 834
   78008 Versailles Cedex
   FRANCE
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Château de Versailles  réalisation d'un ensemble de production de
   froid associé à la réhabilitation du Château d'eau.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Rue Robert de Cotte, 78000 Versailles.
   Code NUTS FR103
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La présente procédure est passée selon les articles 57 à 59 du code des
   marchés publics.
   Le programme des travaux est décomposé en 2 tranches/phases:
    tranche ferme (phase 1): Mise en place d'une production centralisée
   de froid  reprise des couvertures et restauration de la façade Nord du
   Château d'eau
    tranche conditionnelle (Phase 2): Réaménagement intérieur et
   restauration des façades Sud, Est, et Ouest du Château d'eau.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45000000 - IA27, 44115800
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Le programme des travaux est décomposé en 2 tranches/phases:
    tranche ferme (phase 1): Mise en place d'une production centralisée
   de froid  reprise des couvertures et restauration de la façade Nord du
   Château d'eau
    tranche conditionnelle (Phase 2): Réaménagement intérieur et
   restauration des façades Sud, Est, et Ouest du Château d'eau
   la description et le contenu exact des tranches seront précisés dans
   les pièces du dossier de consultations des entreprises.
   ces travaux sont décomposés en 8 lots séparés:
   102.1  génie Civil / Gros-Oeuvre / Aménagement
   102.2  maçonnerie / Pierre de taille / Plâtrerie
   200  charpente bois
   204  menuiseries extérieures / Serrurerie
   224  couverture
   300  cvc / Plomberie
   305  electricité Courants Forts et Faibles
   307  monte Charges
   Les lots 102.1, 102.2, 300, 305 et 307 font l'objet du présent appel
   d'offres ouvert (Aoo).
   Les lots 200, 204 et 224 font l'objet d'une procédure adaptée (Mapa),
   distinct et concomitant.
   le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 12 mois (avec
   une période de préparation d'un mois). Ce délai court à compter de la
   notification de l'os prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot
   102.1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant
   celui de la tranche conditionnelle est de 15 mois (avec une période de
   préparation d'un mois), à compter de la décision d'affermissement qui
   interviendra, le cas échéant, dans les conditions précisées au Ccap.
   Une option, dont le chiffrage est obligatoire, est prévue au lot no300
   (CVC  plomberie):
    Option 1: Modification de la position des refroidisseurs en toiture
   technique
   cette option est décrite dans le CCTP du lot no300.
   Son chiffrage est obligatoire sous peine de rejet de l'offre.
   Le choix de retenir l'option s'effectuera au moment de l'analyse des
   offres. Celle-Ci sera, le cas échéant, intégrées au marché avant sa
   notification.
   II.2.2)Information sur les options
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 27 (à compter de la date dattribution du marché)
   Information sur les lots
   Lot nº: 102 Intitulé: 1 Génie Civil / Gros-Oeuvre / Aménagement
   1)Description succincte
   Macro-Lot prenant en charge:
    les installations communes de chantier;
    les échafaudages de pied et le parapluie;
    les ouvrages de VRD;
    les ouvrages structurels de béton armé;
    les ouvrages d'étanchéité de la terrasse technique;
    les ouvrages de maçonnerie courante;
    les ouvrages de charpente métallique;
    les cloisonnements / doublages / faux-plafonds;
    les revêtements de sols et murs;
    les ouvrages de menuiserie intérieure contemporaine / agencement;
    les ouvrages de peinture intérieure;
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45000000, 44115800
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 102 Intitulé: 2 maçonnerie / pierre de taille / plâtrerie
   1)Description succincte
   Prenant en charge:
    la restauration des parements intérieurs en pierre de taille;
    la restauration des parements intérieurs en moellons;
    la restauration des enduits plâtre intérieurs;
    la restauration des façades extérieures;
    les travaux d'accompagnement du lot 102.1 pour la finition des
   percements dans l'aile des Ministres Nord et dans les galeries du
   Château d'eau;
    tous les ouvrages de percements dans les parements existants du
   Château d'eau;
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45262522, 45262512
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 300 Intitulé: Cvc / plomberie
   1)Description succincte
    la mise en oeuvre des groupes froids au sein du pôle énergétique du
   Grand Commun;
    l'installation de tours de refroidissement et d'une paroi acoustique
   sur la terrasse technique du château d'eau;
    le raccordement de liaison entre ces deux installations, y compris
   pompes du circuit de refroidissement, des échangeurs etc;
    les installations de traitement d'eau, de maintien de pression,
   d'appoint d'eau glycolée etc;
    les installations de ventilation des ateliers du service des
   Fontaines;
    les installations de chauffage des ateliers du service des Fontaines
   et le raccordement à la production de chaleur de la sous-station de
   chauffage de la cour de l'opéra;
    l'évacuation et la récupération des eaux pluviales de la terrasse
   techniques jusqu'aux regards au sol du rez-de-chaussée;
    la mise en place d'une cuve de récupération des eaux pluviales et
   d'un ensemble de surpression pour l'alimentation en eau non potable;
    le raccordement en eau froide sanitaire depuis la canalisation d'eau
   existante au sous-sol;
    l'ensemble de la distribution Eau Froide sanitaire et Eau Froide pour
   les besoins techniques, ainsi que la pose de ballons électriques de
   productions ECS;
    la fourniture et la pose des appareils sanitaires ainsi que leur
   raccordement aux conduites d'évacuation gravitaires existantes;
    la fourniture et la pose d'appareils de sécurité type lave-yeux, du
   traitement des eaux plombées, du traitement des eaux Acides et du
   traitement des eaux Hydrocarbures;
    la mise en oeuvre des réseaux de distributions GAZ (Oxygène,
   Acétylène, Propane) et d'air comprimé;
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45330000, 45331000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 305 Intitulé: Électricité courants forts et faibles
   1)Description succincte
    le raccordement à la boucle HTA normale du château et la création
   d'un poste d'alimentation normale (transformateur + tgbt) propre au
   château d'eau;
    le raccordement à la boucle HTA de sécurité du château et la création
   d'un poste d'alimentation de sécurité (transformateur + tgs) propre au
   château d'eau;
    l'alimentation et la distribution des équipements de production de
   froid (groupes froids, tours de refroidissement, pompes), des appareils
   spécifiques du service des Fontaines, des appareillages électriques
   (prises de courant, interrupteurs, etc.) et des appareils d'éclairage;
    la mise en place des différents appareils d'éclairage normaux et de
   sécurité;
    la mise en place de réseaux spécifiques courants faibles (réseaux
   VDI, sûreté, GTC, etc.);
    la mise en place d'un système de sécurité incendie (Ssi) de catégorie
   A adressable et d'un équipement d'alarme de type 1;
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45311200, 45312100
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 307 Intitulé: Monte Charges
   1)Description succincte
   La mise en place d'un monte-charge sur 3 niveaux pour l'exploitation
   des réserves du service de l'architecture.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   51511000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Les présents marchés prévoient une retenue de garantie d'un montant de
   5 % à la charge du titulaire. Cette garantie sera établie selon les
   conditions fixées aux articles 101 à 102 du code des marchés publics.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Modalité de financement: budget de l'OPPIC.
   Modalités de paiement: Le règlement du marché sera effectué
   conformément aux dispositions des articles 87 à 90 (avance) et 98
   (délai global de paiement de 30 jours) du code des marchés publics. Des
   acomptes seront versés au fur et à mesure de l'exécution du marché,
   dans le respect des règles de la comptabilité publique et de l'article
   91 du code des marchés publics.
   Une avance pourra être versée au titulaire dans les conditions prévues
   aux articles 87 à 90 du code des marchés publics.
   Le moyen de paiement retenu est le virement.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Le cas échéant, les candidats pourront soumissionner sous forme de
   groupement solidaire ou de groupement conjoint, en application de
   l'article 51 du code des marchés publics.
   Toutefois, conformément à l'article 51-7 du code des marchés publics,
   le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de
   groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Le prix. Pondération 40
   2. La valeur technique. Pondération 60
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   VERS-CHE
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   A  critères de sélection des candidatures
   Sur la base des justifications remises, la liste des offres recevables
   sera établie en tenant compte de la pertinence des références et
   qualifications présentées, des garanties professionnelles et
   financières, et du prix.
   B  justifications à produire quant aux qualités et capacités du
   candidat:
   Pour tous les lots:
    formulaire Dc1, Lettre de candidature  habilitation du mandataire
   par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante:
   [8]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1
   -dc2-dc3-dc4 )
    formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
   groupement (disponible à l'adresse suivante:
   [9]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1
   -dc2-dc3-dc4 )
    déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
   d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
   marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
   (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
    déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
   l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
   dernières années (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
    présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq
   dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
   travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
   l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
   effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
   (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
    indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
   économique (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
    indication des titres d'études et professionnels des cadres de
   l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou
   de conduite des travaux de même nature que celle du marché (document à
   produire en annexe du formulaire Dc2);
    déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
   technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
   même nature (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
    certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la
   capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par
   des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
   attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
   prestation pour laquelle il se porte candidat (document à produire en
   annexe du formulaire Dc2): les qualifications requises sont précisées
   dans le règlement de consultation.
    s'Il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités
   professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
   économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
   opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur
   public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
   opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
   pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de
   l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire Dc2)
   Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
   française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français,
   certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
   C  conditions de mise à disposition du DCE
   Le Dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à la
   disposition de chaque candidat, sous format numérique, selon les 2
   modalités suivantes:
   1-téléchargement du DCE
   Le DCE est téléchargeable depuis la plate-forme de dématérialisation de
   l'oppic: [10]https://www.marches-publics.gouv.fr
   Ce téléchargement peut être fait librement, sans inscription préalable
   sur cette plate-forme.
   Toutefois, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en
   l'absence de cette inscription préalable, ils ne seront pas
   automatiquement informés des éventuelles modifications et compléments
   apportés au dossier.
   2-remise du DCE sur un format physique numérique
   Le DCE initial peut être remis à chaque candidat sur un CD ou DVD-ROM.
   Pour ce faire, le candidat doit adresser une télécopie à:
   Mme Yohane Agbahi
   OPPIC  département C  équipe projets Versailles
   30 rue du Château des rentiers  75013 Paris  bureau 333
   Fax no 01.44.97.79.03  tel no 01.44.97.78.61
   Dans laquelle doit être précisé:
    le nom et l'adresse du candidat;
    l'identité et les coordonnées du correspondant désigné pour cette
   affaire (Nom, Prénom, mail, no de téléphone et de fax);
    si le candidat souhaite retirer le support physique demandé ou s'il
   souhaite un envoi postal;
    l'adresse précise et complète à laquelle doit être envoyé le support
   physique, en cas de demande d'envoi postal;
   Le support physique ainsi demandé sera, en fonction de la demande et
   sous 3 jours ouvrables, soit disponible (pour un retrait par le
   candidat), soit envoyé par simple envoi postal (sans garantie de
   réception ni de délai d'acheminement).
   Un seul support physique sera remis ou envoyé par candidat.
   De même, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en
   l'absence d'inscription sur plate-forme de dématérialisation de l'oppic
   ([11]https://www.marches-publics.gouv.fr), ils ne seront pas
   automatiquement informés des éventuelles modifications et compléments
   apportés au DCE.
   Il ne sera pas remis de dossier au format papier.
   D  modalités de remise des offres et des candidatures
   Les offres seront remises sous double enveloppe en un original et
   quatre copies:
    l'enveloppe intérieure portant la mention « Appel d'offres ouvert 
   château de Versailles  château d'eau  travaux phases 1 et 2  lot no
   (à préciser)  candidat: (préciser le nom et l'adresse)  dossier de
   candidature et offre »
    l'enveloppe extérieure portant impérativement la mention « Appel
   d'offres ouvert  château de Versailles  château d'eau  travaux
   phases 1 et 2  lot no(à préciser)  ne pas ouvrir par le service
   courrier »
   Les plis seront impérativement remis avant la date limite indiquée dans
   le présent avis par tout moyen permettant de donner une date certaine à
   leur réception et de garantir la confidentialité de leur contenu à
   l'adresse suivante: Oppic  30 rue du château des rentiers 
   département des marchés et des affaires juridiques  cS 61336  75647
   Paris Cedex 13.
   L'Expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne
   publique ne pouvant être tenue pour responsable des problèmes
   d'acheminement du courrier.
   Ou remis contre récépissé à la même adresse, bureau 358, 3ème étage, du
   lundi au jeudi: de 9:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30, et le vendredi: de
   9:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:00.
   Les envois seront faits sous la seule responsabilité de l'expéditeur
   jusqu'à réception et enregistrement par le service destinataire.
   Les candidats qui ont adressés une offre électronique font parvenir
   leur réponse par voie dématérialisée sur le site:
   [12]https://www.e-marches.oppic.fr  une assistance en ligne y est
   accessible.
   L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent
   utiliser le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils
   transmettent au pouvoir adjudicateur, sous peine de rejet de l'offre,
   conformément à l'article 56 du code des marchés publics.
   Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait
   délivré après la date et l'heure limites fixées ci-avant ainsi que ceux
   remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
   E  renseignements complémentaires
   Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui
   leur seraient utiles lors de leur étude, les candidats devront faire
   parvenir, au plus tard 10 jours avant les date et heure limites, une
   demande par fax et courrier électronique.
   Pour les renseignements d'ordre technique:
   Mme Héloïse Gabriel
   Adresse électronique: [13]h.gabriel@oppic.fr
   Copie: [14]d.coeur@oppic.fr
   Télécopieur: 01 44 97 79 03
   Cette demande doit préciser:
    le nom et l'adresse du candidat;
    l'identité et les coordonnées du correspondant désigné pour cette
   affaire et auquel sera adressée la réponse (Nom, Prénom, mail, no de
   téléphone et de télécopieur);
    et, pour chaque question, le document du DCE concerné, la référence
   de la clause dans ce document, ainsi que l'ouvrage ou la prestation
   concernée;
   Pour les renseignements d'ordre administratif:
   Département des marchés et des affaires juridiques
   Adresse électronique: [15]service.marches@oppic.fr.
   Une visite des lieux est obligatoire. Les dates fixées pour les visites
   obligatoires et communes sont spécifiées dans le règlement de
   consultation
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Versailles
   56 avenue de Saint-Cloud
   78011 Versailles
   E-mail: [16]greffe.ta-versailles@juradm.fr
   Téléphone: +33 139205400
   Adresse internet: [17]http://versailles.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 139205487
   VI.4.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours:  référé
   précontractuel: avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et
   R551-1 à -6 du code de justice administrative);
    référé contractuel: 31 jours après la publication de l'avis
   d'attribution ou, à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la
   conclusion du marché (articles L551-13 à -23 et R551-7 à -10 du code de
   justice administrative);
    recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de
   l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du
   marché;
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Labormöbel - RO-Bucuresti
Labormöbel
Installation von Einbaumöbeln
Dokument Nr...: 25173-2016 (ID: 2016012609053563965)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  RO-Bucuresti: Labormöbel
   2016/S 17/2016 25173
   Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Kiritescu (INCE)
   al Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, INCE Calea
   13 Septembrie nr. 13, sector 5, Zu Händen von: dnul Danut Gatan,
   Bucuresti 050711, RUMÄNIEN. Telefon: +40 213182413. Fax: +40 213182413.
   E-Mail: danutgatan@yahoo.com
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.10.2015, [1]2015/S
   207-375433)
   Betr.:
   CPV:39180000, 45421153
   Labormöbel
   Installation von Einbaumöbeln
   Anstatt:
   VI.2) Informaii suplimentare:
   .
   muss es heißen:
   VI.2) Informaii suplimentare:
   Numar de oferte admisibile: 3
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375433-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2016    S17    - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
   deschis
   România-Bucuresti: Mobilier de laborator
   2016/S 017-025173
   Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Kiritescu (INCE)
   al Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, INCE Calea
   13 Septembrie nr. 13, sector 5, În atenia: dnul Danut Gatan, Bucuresti
   050711, ROMÂNIA. Telefon: +40 213182413. Fax: +40 213182413. E-mail:
   danutgatan@yahoo.com
   (Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 24.10.2015,
   [1]2015/S 207-375433)
   În ceea ce privete:
   CPV:39180000, 45421153
   Mobilier de laborator
   Instalare de mobilier încorporat
   În loc de:
   VI.2) Informaii suplimentare:
   .
   A se citi:
   VI.2) Informaii suplimentare:
   Numar de oferte admisibile: 3
   Alte informaii suplimentare
   Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
   licitaie corespunztoare.
   Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
   corespunztoare.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Elektrizität - SK-Trenín
Elektrizität
Erdgas
Dokument Nr...: 25273-2016 (ID: 2016012609071564073)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  SK-Trenín: Elektrizität
   2016/S 17/2016 25273
   Vorinformation
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   36302724
   1. mája 11
   Kontaktstelle(n): E-VO, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
   Zu Händen von: Marek Hava
   911 01 Trenín
   SLOWAKEI
   Telefon: +421 022102587 / 022102587
   E-Mail: [3]obstaravanie@e-vo.sk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09310000, 09123000
   Beschreibung
   Elektrizität .
   Erdgas .
References
   3. mailto:obstaravanie@e-vo.sk?subject=TED
OT: 26/01/2016    S17    - - Dodávky - Predbené oznámenie bez výzvy na
   súa - Neuplatnitené
   Slovensko-Trenín: Elektrická energia
   2016/S 017-025273
   Predbené oznámenie
   Tovary
   Smernica 2004/18/ES
   Oddiel I: Verejný obstarávate
   I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
   Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s.
   36302724
   1. mája 11
   Kontaktné miesto (miesta): E-VO, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06
   Bratislava
   Kontaktná osoba: Marek Hava
   911 01 Trenín
   SLOVENSKO
   Telefón: +421 022102587 / 022102587
   E-mail: [5]obstaravanie@e-vo.sk
   alie informácie mono získa na adrese: Vyie uvedené kontaktné
   miesto/miesta
   I.2)Druh verejného obstarávatea
   Iné: § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
   I.3)Hlavná innos
   Iné: vodárenstvo
   I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateov
   Verejný obstarávate nakupuje v mene iných verejných obstarávateov:
   nie
   Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo sluby)
   II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateom:
   Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
   II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania sluieb
   Tovary
   TVK, a.s., Kounícka 4, 911 05 Trenín.
   Kód NUTS SK
   II.3)Informácie o rámcovej dohode
   Oznámenie zaha uzavretie rámcovej dohody: áno
   II.4)Struný opis povahy a mnostva alebo hodnoty dodávok alebo
   sluieb:
   Výsledkom verejného obstarávania má by zabezpeenie nákupu energií
   (elektrina a plyn) poskytovateom, ktorý zabezpeí dodávku energií
   poda konkrétnych potrieb obstarávatea, ako aj komplexné sluby
   spojené s bezpenou, stabilnou a komplexnou dodávkou energií pre cca
   142 odberných miest elektriny a pre cca 6 odberných miest plynu
   prevane v budovách technologického charakteru.
   Predpokladané náklady bez DPH: 1 900 000 EUR
   II.5)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   09310000, 09123000
   II.6)Plánovaný dátum zaatia postupu verejného obstarávania
   II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
   Na túto zákazku sa vzahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
   II.8)Doplujúce informácie:
   Oddiel III: Právne, ekonomické, finanné a technické informácie
   III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
   III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz
   na prísluné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
   III.2)Podmienky úasti
   III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
   Oddiel VI: Doplnkové informácie
   VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
   Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
   Európskej únie: nie
   VI.2)Doplujúce informácie:
   VI.3)Informácie o veobecnom zákonnom rámci
   Dôleité internetové adresy stránok tátnej správy, na ktorých mono
   získa informácie
   Daové právne predpisy [6]http://www.finance.gov.sk; [7]www.drsr.sk
   Právne predpisy na ochranu ivotného prostredia
   [8]http://www.enviro.gov.sk
   Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky
   [9]http://www.employment.gov.sk
   VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Orthopädische Prothesen - PT-Viseu
Orthopädische Prothesen
Dokument Nr...: 25373-2016 (ID: 2016012609084764164)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  PT-Viseu: Orthopädische Prothesen
   2016/S 17/2016 25373
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
   Av. Rei D. Duarte
   Kontaktstelle(n): Serviço de Aprovisionamento e Património
   Zu Händen von: Bruno Andrade
   3504-509 Viseu
   PORTUGAL
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33183200
   Beschreibung
   Orthopädische Prothesen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   2.3.2016 - 17:30
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Portugiesisch.
References
OT: 26/01/2016    S17    - - Fornecimentos - Anúncio de concurso - Concurso
   público
   Portugal-Viseu: Próteses ortopédicas
   2016/S 017-025373
   Anúncio de concurso
   Fornecimentos
   Directiva 2004/18/CE
   Secção I: Autoridade adjudicante
   I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
   Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
   Av. Rei D. Duarte
   Ponto(s) de contacto: Serviço de Aprovisionamento e Património
   À atenção de: Bruno Andrade
   3504-509 Viseu
   PORTUGAL
   Para obter mais informações, consultar: O(s) ponto(s) de contacto
   indicado(s) acima
   O caderno de encargos e documentos complementares (nomeadamente para o
   diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem
   ser obtidos consultando: O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
   As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para: O(s)
   ponto(s) de contacto indicado(s) acima
   I.2)Tipo de autoridade adjudicante
   Organismo de direito público
   I.3)Actividade principal
   Saúde
   I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
   adjudicantes
   A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
   outras autoridades adjudicantes: não
   Secção II: Objecto do contrato
   II.1)Descrição
   II.1.1)Título atribuído ao contrato pela autoridade adjudicante:
   32/00034/2016  Acordo quadro para o fornecimento de diversas próteses
   ortopédicas  anca e joelho.
   II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
   prestação dos serviços
   Fornecimentos
   Compra
   Código NUTS PT165
   II.1.3)Informação acerca do contrato público, acordo-quadro ou Sistema
   de Aquisição Dinâmico (SAD)
   O anúncio implica a celebração de um acordo-quadro
   II.1.4)Informação sobre o acordo-quadro
   Acordo-quadro com um único operador
   Duração do acordo-quadro
   Duração em meses: 48
   II.1.5)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
   Acordo quadro para o fornecimento de diversas próteses ortopédicas 
   anca e joelho.
   II.1.6)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
   33183200
   II.1.7)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
   II.1.8)Lotes
   II.1.9)Informação sobre as variantes
   II.2)Quantidade ou âmbito do contrato
   II.2.1)Quantidade total ou âmbito:
   II.2.2)Informação sobre as opções
   II.2.3)Informação sobre as reconduções
   II.3)Duração do contrato ou prazo de execução
   Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e
   técnico
   III.1)Condições relativas ao contrato
   III.1.1)Cauções e garantias exigidas:
   III.1.2)Principais condições de financiamento e modalidades de
   pagamento e/ou referência às disposições que as regulam:
   III.1.3)Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores
   económicos ao qual vai ser adjudicado o contrato:
   III.1.4)Outras condições especiais
   III.2)Condições de participação
   III.2.1)Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente
   requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou
   comerciais
   III.2.2)Capacidade económica e financeira
   III.2.3)Capacidade técnica
   III.2.4)Informação sobre contratos reservados
   III.3)Condições específicas para os contratos de serviços
   III.3.1)Informação sobre uma profissão específica
   III.3.2)Pessoal responsável pela execução do serviço
   Secção IV: Procedimento
   IV.1)Tipo de procedimento
   IV.1.1)Tipo de procedimento
   Concurso público
   IV.1.2)Limitações quanto ao número de operadores que serão convidados a
   concorrer ou a participar
   IV.1.3)Redução do número de operadores durante a negociação ou o
   diálogo
   IV.2)Critérios de adjudicação
   IV.2.1)Critérios de adjudicação
   IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
   IV.3)Informação administrativa
   IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
   adjudicante:
   IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
   não
   IV.3.3)Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos
   complementares ou da memória descritiva
   IV.3.4)Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação
   2.3.2016 - 17:30
   IV.3.5)Data de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos
   convites para participar aos candidatos seleccionados
   IV.3.6)Língua(s) em que as propostas ou os pedidos de participação
   podem ser redigidos
   português.
   IV.3.7)Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter
   a sua proposta
   IV.3.8)Condições de abertura das propostas
   Secção VI: Informação complementar
   VI.1)Informação sobre o carácter recorrente
   VI.2)Informação sobre os fundos da União Europeia
   VI.3)Informação complementar
   VI.4)Procedimentos de recurso
   VI.4.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
   VI.4.2)Interposição de recursos
   VI.4.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
   interposição de recursos
   VI.5)Data de envio do presente anúncio:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Akustische Ausrüstung - FR-Paris
Akustische Ausrüstung
Audiovisuelle Geräte
Dokument Nr...: 25473-2016 (ID: 2016012609093764262)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  FR-Paris: Akustische Ausrüstung
   2016/S 17/2016 25473
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   École du Louvre
   Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
   Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   FRANKREICH
   E-Mail: [4]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.ecoledulouvre.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Weitere Auskünfte erteilen: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du Carrousel
   Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
   Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-Mail: [9]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Internet-Adresse:
   [10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du Carrousel
   Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
   Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-Mail: [11]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Internet-Adresse:
   [12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du carrousel
   Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
   Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-Mail: [13]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Internet-Adresse:
   [14]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32342410, 32321200
   Beschreibung
   Akustische Ausrüstung.
   Audiovisuelle Geräte.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
   5. http://www.ecoledulouvre.fr/
   6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   9. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
  10. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
  11. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
  12. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
  13. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
  14. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
OT: 26/01/2016    S17    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Paris: Matériel de sonorisation
   2016/S 017-025473
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   École du Louvre
   Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
   À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   FRANCE
   E-mail: [6]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://www.ecoledulouvre.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Accès électronique à l'information:
   [9]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du Carrousel
   Point(s) de contact: Service juridique et financier
   À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-mail: [11]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Adresse internet:
   [12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du Carrousel
   Point(s) de contact: Service juridique et financier
   À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-mail: [13]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Adresse internet:
   [14]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: École du Louvre
   19754687200015
   palais du Louvre, place du carrousel
   Point(s) de contact: Service juridique et financier
   À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
   75038 Paris Cedex 01
   E-mail: [15]marches.publics@ecoledulouvre.fr
   Adresse internet:
   [16]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Éducation
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Palais du Louvre, place du carrousel, 75038
   Paris Cedex 01.
   Code NUTS FR101
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le présent marché a pour objet le renouvellement d'une partie de son
   parc audiovisuel et la rénovation du son de certains amphithéâtres et
   salles. Pour ce faire, l'école du Louvre souhaite que soient effectuées
   la mise en place de nouveaux matériels audiovisuels et ainsi que celle
   d'un dispositif de son de haute qualité, afin de poursuivre sa démarche
   d'un équipement performant comme soutien à son enseignement tant sur la
   diffusion de l'image que du son.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   32342410, 32321200
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Lot 1: fourniture et services pour la rénovation de la sonorisation de
   4 amphithéâtres,
   lot 2: fourniture et installation de matériels audiovisuels (de vidéo
   projection, remplacement du pilotage et de la numérisation vidéo) de 5
   amphithéâtres sur 2 sites et deux salles de cours.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Information sur les lots
   Lot nº: 1 Intitulé: Fourniture et services pour la rénovation de la
   sonorisation de quatre amphithéâtres
   1)Description succincte
   Il est prévu la rénovation de la sonorisation de quatre amphithéâtres
   de l'école du Louvre.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   32342410
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   L'exécution des prestations débutera à cette date et jusqu'à complète
   exécution des prestations. Celles-ci sont prévues à partir de l'été
   2016 (dernière semaine de juin 2016 avec une réception début septembre
   2016).
   Lot nº: 2 Intitulé: Fourniture et installation de matériels
   audiovisuels (de vidéo projection, remplacement du pilotage et de la
   numérisation vidéo) de 5 amphithéâtres et deux salles
   1)Description succincte
   Fourniture et installation de matériels audiovisuels (de vidéo
   projection, remplacement du pilotage et de la numérisation vidéo) pour
   cinq amphithéâtres et 2 salles de cours de l'école du Louvre.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   32321200
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   L'exécution des prestations débutera à cette date et jusqu'à complète
   exécution des prestations. Celles-ci sont prévues à partir de l'été
   2016 (dernière semaine de juin 2016 avec une réception début septembre
   2016).
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Le marché est financé sur le budget de l'école du Louvre. Une avance
   forfaitaire pourra être versée selon les modalités de l'article 87 du
   code des marchés publics. Les sommes dues aux titulaires seront payées
   après service fait sur présentation d'une facture. Le délai global de
   paiement, à compter de la date de réception de la facture par
   l'établissement, est de 30 jours, conformément aux dispositions de
   l'article 98 du Code des marchés publics et conformément aux
   dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 et de son
   décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre
   les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Sur
   le lot 1, le maître d'oeuvre dispose ensuite d'un délai de cinq (5)
   jours ouvrés pour transmettre le projet de facturation devenu facture à
   la personne publique. Les prix sont fermes. Ils sont actualisables
   selon les modalités indiquées ci-dessous s'il s'écoule plus de trois
   (3) mois entre la date d'établissement du prix et la date de début
   d'exécution des prestations considérée conformément à l'article 18 du
   code des marchés publics.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
   descriptif
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   2016-001
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Compte tenu de la complexité du marché, la visite des locaux est
   obligatoire. Le candidat prendra connaissance des locaux de l'école et
   de tous les éléments afférents à la réalisation des prestations afin
   d'être en mesure d'exécuter le présent marché. Tout candidat qui n'aura
   pas effectué de visite préalable ne pourra faire de recours à ce titre
   au motif qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au
   dépôt d'une offre.
   Les visites, communes aux 2 lots, se dérouleront impérativement:
    le mardi 2.2.2016 à 10:00,
    ou le mardi 2.2.2016 à 14:00.
   Ce calendrier de visite a été fixé en tenant compte de la date de
   remise des offres et en fonction des impératifs des équipes techniques
   et des disponibilités réduites des espaces à visiter.
   Aucun autre créneau de visite ne pourra être proposé.
   À ce titre, le titulaire sera réputé avoir une connaissance suffisante
   des lieux lui permettant d'effectuer sa mission et ne pourra élever
   quelque protestation ou réclamation que ce soit à ce titre,
   postérieurement à la notification du marché.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [17]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Adresse internet: [18]http://paris.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 144594646
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [19]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Adresse internet: [20]http://paris.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 144594646
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen - UK-London
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen
Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte
Technische Unterstützung
Objektive für Fotokameras
Digitalkameras
Kameragehäuse
Batterien
Arbeitsspeichermedien
Fernsehkameras
Dokument Nr...: 25573-2016 (ID: 2016012609120864366)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  UK-London: Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen
   2016/S 17/2016 25573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   The British Broadcasting Corporation (BBC)
   Broadcasting House, Portland Place
   Zu Händen von: Hendry Felicity
   W1A 1AA London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 7714182671
   E-Mail: [4]felicity.hendry1@bbc.co.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.bbc.co.uk/supplying/
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://www.bbc.co.uk/supplying/
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://bbc.bravosolution.co.uk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32211000, 32333000, 71356300, 38651100, 38651600, 38651200, 31440000,
   32211000, 30234500, 32240000
   Beschreibung
   Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen.
   Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte.
   Technische Unterstützung.
   Objektive für Fotokameras.
   Digitalkameras.
   Kameragehäuse.
   Batterien.
   Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen.
   Arbeitsspeichermedien.
   Fernsehkameras.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   CCK Media Ltd
   175-176 Tottenham Court Road
   W1T 7NX London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [8]dave@cckmedia.com
   Telefon: +44 2074957005
   Internet-Adresse: [9]www.cckmedia.com
   Fax: +44 2074091808
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Creative Video Productions Ltd
   Priory Mill, Castle Road, Warwickshire
   B80 7AA Studley
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [10]mark@cvp.com
   Telefon: +44 1527854222
   Internet-Adresse: [11]www.cvp.com
   Fax: +44 1527857666
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   IDX Technology Europe Ltd
   Unit 9, Langley Park, Waterside Drive, Berkshire
   SL3 6AD Langley
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [12]Robert.holland@idx.tv
   Telefon: +44 1753547692
   Internet-Adresse: [13]www.idx-europe.co.uk
   Fax: +44 1753546660
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ikegami Electronics (Europe) GmbH
   1 Windmill Business Village, Brooklands Close
   TW16 7DY Sunbury-on-Thames
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [14]mark.capstick@ikegami.co.uk
   Telefon: +44 1932769700
   Internet-Adresse: [15]www.ikegami.de
   Fax: +44 1932769710
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   JVCKenwood UK Ltd
   12 Priestley Way
   NW2 7BA London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [16]john.kelly@uk.jvckenwood.com
   Telefon: +44 2082086200
   Internet-Adresse: [17]www.jvcpro.co.uk
   Fax: +44 2082086260
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   PAG Ltd
   565 Kingston Road, Raynes Park
   SW20 8SA London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [18]nigel@paguk.com
   Telefon: +44 2085433131
   Internet-Adresse: [19]www.paguk.com
   Fax: +44 2085404116
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Panasonic UK Ltd
   Willoughby Road, Berkshire
   RG12 8FP Bracknell
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [20]nigel.wilkes@eu.panasonic.com
   Telefon: +44 1344862444
   Internet-Adresse: [21]http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
   Fax: +44 1344706919
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   PMD Magnetics
   Nelson House, Hamilton Terrace
   CV32 4LY Leamington Spa
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [22]Sam@pmdmagnetics.co.uk
   Telefon: +44 1789268579
   Internet-Adresse: [23]www.pmdmagnetics.com
   Fax: +44 1789414450
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Pyser-SGI Ltd
   Fircroft Way, Castle Road, Kent
   TN8 6HA Edenbridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [24]stefan@pyser-sgi.com
   Telefon: +44 1732864111
   Internet-Adresse: [25]www.pyser-sgi.com
   Fax: +44 1732865544
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Top-Teks Ltd
   Bridge House, Royal Quay, Park Lane
   UB9 6JA Harefield
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [26]mike@topteks.com
   Telefon: +44 1895825619
   Internet-Adresse: [27]www.top-teks.co.uk
   Fax: +44 1895822232
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Visual Impact UK Ltd
   Unit 3 & 4, Teddington Business Park, Station Road,Teddington
   TW11 9BQ London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [28]tim@visuals.co.uk
   Telefon: +44 2089771222
   Internet-Adresse: [29]www.visuals.co.uk
   Fax: +44 2089435307
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:felicity.hendry1@bbc.co.uk?subject=TED
   5. http://www.bbc.co.uk/supplying/
   6. https://www.bbc.co.uk/supplying/
   7. https://bbc.bravosolution.co.uk/
   8. mailto:dave@cckmedia.com?subject=TED
   9. http://www.cckmedia.com/
  10. mailto:mark@cvp.com?subject=TED
  11. http://www.cvp.com/
  12. mailto:Robert.holland@idx.tv?subject=TED
  13. http://www.idx-europe.co.uk/
  14. mailto:mark.capstick@ikegami.co.uk?subject=TED
  15. http://www.ikegami.de/
  16. mailto:john.kelly@uk.jvckenwood.com?subject=TED
  17. http://www.jvcpro.co.uk/
  18. mailto:nigel@paguk.com?subject=TED
  19. http://www.paguk.com/
  20. mailto:nigel.wilkes@eu.panasonic.com?subject=TED
  21. http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
  22. mailto:Sam@pmdmagnetics.co.uk?subject=TED
  23. http://www.pmdmagnetics.com/
  24. mailto:stefan@pyser-sgi.com?subject=TED
  25. http://www.pyser-sgi.com/
  26. mailto:mike@topteks.com?subject=TED
  27. http://www.top-teks.co.uk/
  28. mailto:tim@visuals.co.uk?subject=TED
  29. http://www.visuals.co.uk/
OT: 26/01/2016    S17    - - Supplies - Contract award notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-London: Broadcast production equipment
   2016/S 017-025573
   Contract award notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   The British Broadcasting Corporation (BBC)
   Broadcasting House, Portland Place
   For the attention of: Hendry Felicity
   W1A 1AA London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 7714182671
   E-mail: [6]felicity.hendry1@bbc.co.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.bbc.co.uk/supplying/
   Electronic access to information: [8]https://www.bbc.co.uk/supplying/
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [9]https://bbc.bravosolution.co.uk
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Other: broadcasting
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Video Acquisition  Professional and Semi-professional Cameras and
   Accessories Framework.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   BBC sites across the United Kingdom  please refer to a full list of
   relevant sites contained within the PQQ document.
   NUTS code UK
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   The BBC is seeking to establish a roster of non-exclusive, best value
   for money pan-BBC framework agreements for the supply of professional
   video acquisition equipment, professional lenses, portable storage
   devices and storage cards, advanced camera battery systems, semi-pro
   and consumer camera equipment and linear and file-based record and
   replay equipment, including warranty and support. The Framework is
   divided into Lots. Camera Lots 1, 2 and 3 are based on the European
   Broadcasting Union (EBU) R118-1 Camera Tiers (found at:
   [10]https://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf), which is a minimum criterion:
   Lot 1: System cameras (Tier 1 EBU R118 Section 2.4.1);
   Lot 2: Portable camcorders (UHD1 Tier 1 and 2, HD Tier 1, 2L and 2J EBU
   R118 Sections 2.1 and 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5 and 2.6);
   Lot 3: Specialist cameras (Tier SP EBU R118 Section 2.3 but other
   sections will be considered);
   Lot 4: Consumer and non-broadcast cameras and accessories;
   Lot 5: Professional broadcast lenses;
   Lot 6: Portable storage devices, media cards and card readers;
   Lot 7: File-based record and replay equipment;
   Lot 8: Advanced camera battery systems and camera accessories.
   More information relating to the Lots can be found in the PQQ Document
   (PROC/2014/64/FH).
   The aim of the framework is to provide competitive agreements covering
   a broad and diverse range of equipment, high service levels,
   high-quality comprehensive technical back up/support, warranty and
   guidance on equipment use. Suppliers must demonstrate that they can
   offer sufficient breadth of equipment, technical know-how/expertise and
   delivery. All products will be generally available from stock,
   supported by appropriate inventory levels from a supplier (s) with
   proven experience of dealing with large multi-site organisations. A
   range of rapid delivery solutions will be required to BBC premises
   across the UK, with next day delivery as a standard offering, inclusive
   in product pricing.
   The product range will reflect the operational needs of the BBC during
   the lifetime of the Framework and must be dynamically managed to
   reflect changing technologies employed within the broadcast environment
   with commitment and ability in terms of a proactive approach to
   collaboration with the BBC. Mini-competition call off contracts and
   reverse e-Auctions may be used for significant value spend.
   The initial contract term is for 2 years. The BBC may at its sole
   discretion extend the framework (s) on up to 2 further occasions by up
   to 12 months on each occasion.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   32211000, 32333000, 71356300, 38651100, 38651600, 38651200, 31440000,
   32211000, 30234500, 32240000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Equipment range, refresh programme, value for money, warranty,
   availability and delivery (Lot 1, 2, 3, 5, 7 and 8 only). Weighting 20
   2. Equipment range, refresh programme, value for money, warranty,
   availability and delivery (Lot 4 and 6 only). Weighting 25
   3. Customer and technical support services (Lot 1, 2, 3, 5, 7 and 8
   only). Weighting 20
   4. Customer support services (Lot 4 and 6 only). Weighting 25
   5. Training (Lot 1, 2, 3, 5 and 7 only). Weighting 10
   6. Safe use and transportation (Lot 8 only). Weighting 10
   7. Contract management, performance and reporting  all Lots. Weighting
   20
   8. Continuous improvement  all Lots. Weighting 20
   9. Sustainability and supply chain management  all Lots. Weighting 10
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   PROC/2014/64/FH
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Contract notice
   Notice number in the OJEU: [11]2015/S 039-066264 of 25.2.2015
   Section V: Award of contract
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   CCK Media Ltd
   175-176 Tottenham Court Road
   W1T 7NX London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [12]dave@cckmedia.com
   Telephone: +44 2074957005
   Internet address: [13]www.cckmedia.com
   Fax: +44 2074091808
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Creative Video Productions Ltd
   Priory Mill, Castle Road, Warwickshire
   B80 7AA Studley
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [14]mark@cvp.com
   Telephone: +44 1527854222
   Internet address: [15]www.cvp.com
   Fax: +44 1527857666
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   IDX Technology Europe Ltd
   Unit 9, Langley Park, Waterside Drive, Berkshire
   SL3 6AD Langley
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [16]Robert.holland@idx.tv
   Telephone: +44 1753547692
   Internet address: [17]www.idx-europe.co.uk
   Fax: +44 1753546660
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Ikegami Electronics (Europe) GmbH
   1 Windmill Business Village, Brooklands Close
   TW16 7DY Sunbury-on-Thames
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [18]mark.capstick@ikegami.co.uk
   Telephone: +44 1932769700
   Internet address: [19]www.ikegami.de
   Fax: +44 1932769710
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   JVCKenwood UK Ltd
   12 Priestley Way
   NW2 7BA London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [20]john.kelly@uk.jvckenwood.com
   Telephone: +44 2082086200
   Internet address: [21]www.jvcpro.co.uk
   Fax: +44 2082086260
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   PAG Ltd
   565 Kingston Road, Raynes Park
   SW20 8SA London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [22]nigel@paguk.com
   Telephone: +44 2085433131
   Internet address: [23]www.paguk.com
   Fax: +44 2085404116
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Panasonic UK Ltd
   Willoughby Road, Berkshire
   RG12 8FP Bracknell
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [24]nigel.wilkes@eu.panasonic.com
   Telephone: +44 1344862444
   Internet address: [25]http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
   Fax: +44 1344706919
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   PMD Magnetics
   Nelson House, Hamilton Terrace
   CV32 4LY Leamington Spa
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [26]Sam@pmdmagnetics.co.uk
   Telephone: +44 1789268579
   Internet address: [27]www.pmdmagnetics.com
   Fax: +44 1789414450
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Pyser-SGI Ltd
   Fircroft Way, Castle Road, Kent
   TN8 6HA Edenbridge
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [28]stefan@pyser-sgi.com
   Telephone: +44 1732864111
   Internet address: [29]www.pyser-sgi.com
   Fax: +44 1732865544
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Top-Teks Ltd
   Bridge House, Royal Quay, Park Lane
   UB9 6JA Harefield
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [30]mike@topteks.com
   Telephone: +44 1895825619
   Internet address: [31]www.top-teks.co.uk
   Fax: +44 1895822232
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   V.1)Date of contract award decision:
   2.10.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 17
   Number of offers received by electronic means: 17
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Visual Impact UK Ltd
   Unit 3 & 4, Teddington Business Park, Station Road,Teddington
   TW11 9BQ London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [32]tim@visuals.co.uk
   Telephone: +44 2089771222
   Internet address: [33]www.visuals.co.uk
   Fax: +44 2089435307
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Oberbekleidung - SI-Ljubljana
Oberbekleidung
Kleidung
Bekleidungszubehör
Schuhwerk
Dokument Nr...: 25673-2016 (ID: 2016012609131164449)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  SI-Ljubljana: Oberbekleidung
   2016/S 17/2016 25673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   FURS
   martinska cesta 55
   Zu Händen von: Botjan Smodek
   SI-1000 Ljubljana
   SLOWENIEN
   Telefon: +386 14783800
   E-Mail: [4]gfu.fu@gov.si
   Fax: +386 14783900
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fu.gov.si
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   18200000, 18300000, 18420000, 18800000
   Beschreibung
   Oberbekleidung.
   Kleidung.
   Bekleidungszubehör.
   Schuhwerk.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 241 893,66 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Kolari Zlatko S.P.  Senior Joy Krojatvo
   Wilhelmova ulica 2
   SI-2250 Ptuj
   SLOWENIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 195 735 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 163 071,19 EUR
   ohne MwSt
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Viljem Buan S.P.
   Britof 240
   SI-4000 Kranj
   SLOWENIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 29 705 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 202,30 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:gfu.fu@gov.si?subject=TED
   5. http://www.fu.gov.si/
OT: 26/01/2016    S17    - - Blago - Obvestilo o oddaji naroila - Odprti
   postopek
   Slovenija-Ljubljana: Vrhnja oblaila
   2016/S 017-025673
   Obvestilo o oddaji naroila
   Blago
   Direktiva 2004/18/ES
   Oddelek I: Naronik
   I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
   FURS
   martinska cesta 55
   V roke: Botjan Smodek
   SI-1000 Ljubljana
   SLOVENIJA
   Telefon: +386 14783800
   E-pota: [6]gfu.fu@gov.si
   Telefaks: +386 14783900
   Internetni naslovi:
   Internetni naslov naronika: [7]http://www.fu.gov.si
   I.2)Vrsta naronika
   Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vkljuno
   z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
   I.3)Glavna podroja dejavnosti
   Javna uprava
   I.4)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
   Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
   Oddelek II: Predmet naroila
   II.1)Opis
   II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik
   Javno naroilo za nakup uniform (JN 23/2015 UNIFORMA).
   II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
   Blago
   Nakup
   ifra NUTS
   II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinaminem nabavnem sistemu
   II.1.4)Kratek opis naroila ali nabave
   Javno naroilo za nakup uniform.
   II.1.5)Enotni besednjak javnih naroil
   18200000, 18300000, 18420000, 18800000
   II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
   Naroilo ureja Sporazum o vladnih naroilih (GPA): ne
   II.2)Skupna konna vrednost naroil
   II.2.1)Skupna konna vrednost naroil
   Vrednost: 241 893,66 EUR
   Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
   Oddelek IV: Postopek
   IV.1)Vrsta postopka
   IV.1.1)Vrsta postopka
   Odprti postopek
   IV.2)Merila za izbiro ponudbe
   IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
   Najnija cena
   IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
   Uporabljena je elektronska draba: ne
   IV.3)Upravne informacije
   IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik
   430-10468/2015-
   IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
   Obvestilo o naroilu
   tevilka obvestila v UL: [8]2015/S 184-333764 z dne 23.9.2015
   Oddelek V: Oddaja naroila
   t. sklopa: 2 - Naziv: evlji
   V.1)Datum oddaje naroila:
   22.12.2015
   V.2)Informacije o ponudbah
   tevilo prejetih ponudb: 2
   tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
   V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
   Kolari Zlatko S.P.  Senior Joy Krojatvo
   Wilhelmova ulica 2
   SI-2250 Ptuj
   SLOVENIJA
   V.4)Informacije o vrednosti naroila
   Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
   Vrednost: 195 735 EUR
   Brez DDV
   Skupna konna vrednost naroila:
   Vrednost: 163 071,19 EUR
   Brez DDV
   V.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
   Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
   t. sklopa: 3 - Naziv: Nogavice
   V.1)Datum oddaje naroila:
   22.12.2015
   V.2)Informacije o ponudbah
   tevilo prejetih ponudb: 1
   tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
   V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
   Viljem Buan S.P.
   Britof 240
   SI-4000 Kranj
   SLOVENIJA
   V.4)Informacije o vrednosti naroila
   Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
   Vrednost: 29 705 EUR
   Brez DDV
   Skupna konna vrednost naroila:
   Vrednost: 35 202,30 EUR
   Brez DDV
   V.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
   Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
   Oddelek VI: Dopolnilne informacije
   VI.1)Informacije o sredstvih EU
   Naroilo se nanaa na projekt in/ali program, ki se financira s
   sredstvi EU: ne
   VI.2)Dodatne informacije:
   Javno naroilo za sklop 1: Oblailni deli uniforme, brez nogavic ni
   bilo oddano.
   VI.3)Pritobeni postopki
   VI.3.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
   FURS
   martinska cesta 55
   SI-1000 Ljubljana
   SLOVENIJA
   VI.3.2)Vloitev pritob
   VI.3.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
   FURS
   martinska cesta 55
   SI-1000 Ljubljana
   SLOVENIJA
   VI.4)Datum poiljanja tega obvestila:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Fahrzeuge für den Winterdienst - DE-Friedberg
Fahrzeuge für den Winterdienst
Dokument Nr...: 2573-2016 (ID: 2016010609053439957)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  DE-Friedberg: Fahrzeuge für den Winterdienst
   2016/S 3/2016 2573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Friedberg
   Marienplatz 5
   Kontaktstelle(n): Vergabestelle
   Zu Händen von: Herrn Korbinian Vachal
   86316 Friedberg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8216002120
   E-Mail: [6]korbinian.vachal@friedberg.de
   Fax: +49 821600288120
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.friedberg.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [8]www.staatsanzeiger-eservices.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Beschaffung eines LKW mit Ladekran und Winterdienstausrüstung.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Stefanstraße 1, 86316 Friedberg.
   NUTS-Code DE275
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Beschaffung eines LKW mit Ladekran und Winterdienstausrüstung für den
   Baubetriebshof der Stadt Friedberg.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34143000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 255 415,65 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 19
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Preis. Gewichtung 50
   2. Qualität / technischer Wert. Gewichtung 20
   3. Funktionalität / Gebrauchswert. Gewichtung 20
   4. Service / Kundendienst. Gewichtung 5
   5. Energieeffizienz. Gewichtung 5
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 172-312497 vom 5.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   4.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   BayWa AG SR Südbayern
   Markter Straße 2
   86405 Erlingen
   DEUTSCHLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 255 415,65 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 19
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
   Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
   unbekannt
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer Südbayern; Regierung von Oberbayern
   Maximilianstraße 39
   80534 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Internet-Adresse: [11]http://regierung.oberbayern.bayern.de
   Fax: +49 8921762847
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die
   Fristen richten sich nach § 107 GWB. Soweit ein Nachprüfungsantrag erst
   nach Zuschlagserteilung zugestellt wird, ist er unzulässig (§ 114 GWB).
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer Südbayern; Regierung von Oberbayern
   Maximilianstraße 39
   80534 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [12]vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Internet-Adresse: [13]http://regierung.oberbayern.bayern.de
   Fax: +49 8921762847
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   4.1.2016
References
   6. mailto:korbinian.vachal@friedberg.de?subject=TED
   7. http://www.friedberg.de/
   8. http://www.staatsanzeiger-eservices.de/
   9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312497-2015:TEXT:DE:HTML
  10. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de?subject=TED
  11. http://regierung.oberbayern.bayern.de/
  12. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de?subject=TED
  13. http://regierung.oberbayern.bayern.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - PL-Warschau
Gebäudereinigung
Büroreinigung
Fensterreinigung
Parkplatzreinigung
Schneeräumung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Anlegen von Rasen
Dokument Nr...: 25773-2016 (ID: 2016012609145664550)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  PL-Warschau: Gebäudereinigung
   2016/S 17/2016 25773
   Mazowiecki Oddzia Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
   Rolnictwa, al. Jana Pawa II 70, Zu Händen von: Magdalena Nasiowska,
   Warszawa 00-175, POLEN. Telefon: +48 225365847. Fax: +48 228602842.
   E-Mail: magdalena.nasilowska@arimr.gov.pl
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
   250-458728)
   Betr.:
   CPV:90911200, 90919200, 90911300, 90914000, 90620000, 77310000,
   77314100
   Gebäudereinigung
   Büroreinigung
   Fensterreinigung
   Parkplatzreinigung
   Schneeräumung
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   Anlegen von Rasen
   Anstatt:
   II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
   Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 896958,40 PLN
   Bez VAT.
   V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 896958,40 PLN
   Bez VAT.
   muss es heißen:
   II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
   Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 892958,44 PLN
   Bez VAT.
   V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 892958,44 PLN
   Bez VAT.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458728-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2016    S17    - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi sprztania budynków
   2016/S 017-025773
   Mazowiecki Oddzia Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
   Rolnictwa, al. Jana Pawa II 70, Osoba do kontaktów: Magdalena
   Nasiowska, Warszawa 00-175, POLSKA. Tel.: +48 225365847. Faks: +48
   228602842. E-mail: magdalena.nasilowska@arimr.gov.pl
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 26.12.2015,
   [1]2015/S 250-458728)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:90911200, 90919200, 90911300, 90914000, 90620000, 77310000,
   77314100
   Usugi sprztania budynków
   Usugi sprztania biur
   Usugi czyszczenia okien
   Usugi sprztania parkingów
   Usugi odnieania
   Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
   Usugi w zakresie trawników
   Zamiast:
   II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
   Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 896958,40 PLN
   Bez VAT.
   V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 896958,40 PLN
   Bez VAT.
   Powinno by:
   II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
   Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 892958,44 PLN
   Bez VAT.
   V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 892958,44 PLN
   Bez VAT.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke - UK-Hertford
Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
Kraftfahrzeuge
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
Personenkraftwagen
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Dokument Nr...: 25873-2016 (ID: 2016012609163164653)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  UK-Hertford: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
   2016/S 17/2016 25873
   Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hertfordshire County Council
   Pegs Lane
   Kontaktstelle(n): Strategic Procurement Group
   Zu Händen von: Zoe Upson
   SG13 8DE Hertford
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 01707292463
   E-Mail: [3]zoe.upson@hertfordshire.gov.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.hertsdirect.org
   Adresse des Beschafferprofils: [5]www.supplyhertfordshire.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34000000, 34100000, 34120000, 34110000, 60000000
   Beschreibung
   Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke .
   Kraftfahrzeuge .
   Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen .
   Personenkraftwagen .
   Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) .
References
   3. mailto:zoe.upson@hertfordshire.gov.uk?subject=TED
   4. http://www.hertsdirect.org/
   5. http://www.supplyhertfordshire.uk/
OT: 26/01/2016    S17    - - Services - Prior Information Notice without
   call for competition - Not applicable
   United Kingdom-Hertford: Transport equipment and auxiliary products to
   transportation
   2016/S 017-025873
   Prior information notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Hertfordshire County Council
   Pegs Lane
   Contact point(s): Strategic Procurement Group
   For the attention of: Zoe Upson
   SG13 8DE Hertford
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 01707292463
   E-mail: [5]zoe.upson@hertfordshire.gov.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [6]www.hertsdirect.org
   Address of the buyer profile: [7]www.supplyhertfordshire.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
   II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Pre-Procurement Market Engagement for the provision of Self Drive Hire
   and Passenger Carrying Vehicles with Driver.
   II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
   Service category No 2: Land transport services [2], including armoured
   car services, and courier services, except transport of mail
   II.3)Information on framework agreement
   II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
   services:
   2. Current position.
   The Council is seeking pre-procurement market engagement for the
   following;
   The Council and its customers have a requirement for the provision of
   self-drive hire vehicles to include cars and commercials and in
   addition passenger carrying vehicles with driver.
   It is anticipated that any future procurement will be broken down into
   the following Vehicle Lots as listed below:
    Lot 1: Cars (including 4 x 4 vehicles) and automatics;
    Lot 2: Goods Vehicles  small vans and up to 3.5 tonne with variety
   of body styles including variety of box styles with or without
   tail-lift and lorries 7.5 tonnes and over;
    Lot 3: Minibuses;
    Lot 4: Passenger carrying vehicles with wheelchair access;
    Lot 5: Passenger carrying vehicles with driver e.g. minibus,
   small/large coach;
    Lot 6: Specialist/Municipal Vehicles;
    Lot 7: Insured Vehicles.
   The existing framework expires at the end of September 2016 and this
   requirement is to renew and re procure this framework. The current
   self-drive hire framework has been well supported and provided
   competitive vehicle hire for the Council and its customers. We have a
   number of key users of the current framework which includes Academy's,
   Schools, Northamptonshire County Council, Youth Connexions and Herts
   Catering.
   Current Scope.
   The current service enables reliable continuity of the Council and its
   customer's everyday services and business at best value. The growth of
   our customer base with the current framework outweighed our
   expectations and we will be marketing the possibility of the new
   framework with districts and other potential customers. This framework
   is also heavily relied on for transporting pupils on trips and
   activities also used by departments when their own vehicles are off the
   road or being serviced. It is anticipated that the Council will procure
   a multi supplier framework moving forwards to enable full coverage
   across the country.
   This brief is being used as an outline to engage with the market so the
   Council can discuss the opportunity with potentially interested
   organisations.
   It's anticipated that the selected supplier(s) would be required to
   work collaboratively with the Council to continually support the
   service to ensure it is reliable, cost effective and meets the needs of
   our service users and customers.
   The intention is to procure a framework for a fixed term of three years
   with the option to extend for a further year at the sole discretion of
   the Council. The anticipated total value of the framework is ranged
   between 666 000 GBP to 1 100 000 GBP.
   II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   34000000, 34100000, 34120000, 34110000, 60000000
   II.6)Scheduled date for start of award procedures
   II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.8)Additional information:
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Information about reserved contracts
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   Process.
   The pre-procurement market engagement will comprise:
    Submission of the Supplier Questionnaire (please see Appendix A 
   separate MS Word document) Supplier Questionnaire's must be received by
   12.2.2016.
   For the avoidance of doubt, this stage of the project is not part of a
   formal procurement process and the Council is not committing, at this
   stage to carrying out such a process.
   Participation or non-participation in this pre-procurement market
   engagement shall not prevent any supplier participating in a potential
   procurement process nor is it intended that any information supplied
   shall place any supplier at an advantage in any forthcoming procurement
   process.
   Indicative Timetable.
   The indicative timetable is summarised below:
   The Council publishes a PIN in the OJEU 22.1.2016;
   Deadline for Queries 1.2.2016;
   Return of Supplier Questionnaires 12.2.2015;
   Pre-Procurement Market Engagement concludes 19.2.2016;
   Proposed Procurement process commences April 2016.
   Queries.
   The Council's eTendering system, In-Tend, enables questions and answers
   to be exchanged via the email facility.
   Any queries regarding this process must be submitted via the In-Tend
   system by the deadline stated in section 6.7) above. Although the
   source of any questions will be kept confidential, both the query
   itself and the Council's response may be shared with the other
   interested parties at its sole discretion.
   The Council will seek to respond within 3 working days via the In-Tend
   system but gives no guarantee that it will respond at all.
   Disclaimer.
   The information in this document and the related appendix is solely for
   the purpose of the Council's pre-procurement market engagement and no
   representation, warranty, or undertaking is given by the Council as to
   its accuracy or completeness, and the Council accepts no liability in
   relation to this.
   No information contained in the documents or in any communication made
   between the Council and any supplier in connection with its
   pre-procurement market engagement shall be relied upon as constituting
   a contract, agreement or representation that any contract shall be
   awarded.
   The Council reserves the right, at its discretion to:
   1) Change this document and/or the procedure for the pre-procurement
   market engagement; and
   2) Proceed, or not, with a subsequent procurement.
   The Council will not treat as confidential, any information submitted
   in response to this process, and respondents should note that the
   Council is subject to the requirements under the Freedom of Information
   Act 2000 and the Environmental Information Regulations 2004 and may be
   obliged to disclose responses.
   Participation in the pre-procurement market engagement will be at each
   supplier's own cost. No expense in responding to this process will be
   reimbursed by the Council.
   Supplier Questionnaire Instructions.
   Completing the Supplier Questionnaire.
   Please answer all questions fully as possible i.e. within each response
   area provided. Please limit your response to each question to a maximum
   of 2 sides of A4. Any questions which you feel are not relevant; please
   enter Not Applicable. Company brochures or other general marketing
   information should not be attached in addition to this.
   Any supporting documents must be cross-referenced to the relevant
   question. If the Council requires further information concerning your
   response, your organisation will be contacted. However, please provide
   full details and answer all questions, as the Council reserves the
   right not to ask organisations for any further information.
   If you have any queries regarding the Supplier Questionnaire or any of
   aspects of the pre-procurement market engagement please send your
   enquiry using the Council's In-Tend system. Please note that all
   queries must be submitted within the stated deadline (i.e. set out in
   section 6.7 of this document).
   Uploading Your Completed Supplier Questionnaire.
   To participate in this pre-procurement market engagement, organisations
   must submit their completed Supplier Questionnaire, together with any
   supporting documents, through the In-Tend system by the return deadline
   of 12:00 on 12.2.2016. Supplier Questionnaires cannot be uploaded after
   the closing date/time.
   Please make sure that you have submitted your Supplier Questionnaire
   following the instructions above. The Council will not be held
   accountable for any errors made by an organisation in submitting their
   Supplier Questionnaire. Any clarifications regarding this opportunity
   must be raised through the Correspondence area in the In-Tend system.
   If you are experiencing problems, In-Tend offer a help section which
   includes a dedicated UK Support Desk which can be contacted via email
   [8]support@in-tend.com or telephone +44 (0)114 407 0065 for any website
   / technical questions (Monday to Friday 8:30  17:30).
   VI.3)Information on general regulatory framework
   Relevant governmental Internet sites where information can be obtained
   Tax legislation [9]http://www.hmrc.gov.uk/thelibrary/legislation.htm
   Environmental protection legislation
   [10]http://www.environment-agency.gov.uk
   Employment protection and working conditions
   [11]http://gov.uk/browse/working
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor - PL-Bielsko-Biaa
Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor
Planungsleistungen im Bauwesen
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Architekturentwurf
Entwurfsunterstützungsdienste
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
Risiko- und Gefahrenabschätzung im Bau
Projektaufsicht und Dokumentation
Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Dokument Nr...: 25973-2016 (ID: 2016012609180764759)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  PL-Bielsko-Biaa: Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor
   2016/S 17/2016 25973
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Miasto Bielsko-Biaa  Urzd Miejski w Bielsku-Biaej
   pl. Ratuszowy 1
   Zu Händen von: Jan Pacia, Naczelnik Wydziau Inwestycji
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLEN
   Telefon: +48 334971680
   E-Mail: [4]inwest@um.bielsko.pl
   Fax: +48 338227539
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.um.bielsko.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Urzd Miejski Wydzia Inwestycji
   pl. Ratuszowy 7
   Kontaktstelle(n): Wydzia Inwestycji
   Zu Händen von: Szymon Matusiewicz
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLEN
   Telefon: +48 334971688
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Urzd Miejski
   Wydzial Inwestycji
   Plac Ratuszowy 7
   Kontaktstelle(n): Wydzia Inwestycji
   Zu Händen von: Szymon Matusiewicz
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLEN
   Telefon: +48 334971688
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90711300, 71320000, 71322000, 71240000, 71220000, 79933000, 71242000,
   71313410, 71248000, 79421100
   Beschreibung
   Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor.
   Planungsleistungen im Bauwesen.
   Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau.
   Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
   planungsbezogene Leistungen.
   Architekturentwurf.
   Entwurfsunterstützungsdienste.
   Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung.
   Risiko- und Gefahrenabschätzung im Bau.
   Projektaufsicht und Dokumentation.
   Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 24.2.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:inwest@um.bielsko.pl?subject=TED
   5. http://www.um.bielsko.pl/
OT: 26/01/2016    S17    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Bielsko-Biaa: Analiza wskaników ekologicznych innych ni
   dotyczcych brany budowlanej
   2016/S 017-025973
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Miasto Bielsko-Biaa  Urzd Miejski w Bielsku-Biaej
   pl. Ratuszowy 1
   Osoba do kontaktów: Jan Pacia, Naczelnik Wydziau Inwestycji
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLSKA
   Tel.: +48 334971680
   E-mail: [6]inwest@um.bielsko.pl
   Faks: +48 338227539
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.um.bielsko.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Urzd Miejski Wydzia Inwestycji
   pl. Ratuszowy 7
   Punkt kontaktowy: Wydzia Inwestycji
   Osoba do kontaktów: Szymon Matusiewicz
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLSKA
   Tel.: +48 334971688
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Urzd Miejski Wydzial Inwestycji
   Plac Ratuszowy 7
   Punkt kontaktowy: Wydzia Inwestycji
   Osoba do kontaktów: Szymon Matusiewicz
   43-300 Bielsko-Biaa
   POLSKA
   Tel.: +48 334971688
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania
   terenu oraz na ich podstawie opracowanie penobranowej, kompletnej
   dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz penienie nadzoru
   autorskiego i przyrodniczego podczas realizacji projektu, w ramach
   zadania inwestycyjnego pt. Rewitalizacja miejskich systemów
   nadbrzenych w miecie Bielsko-Biaa.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
   zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
   krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
   technicznych; usugi bada i analiz technicznych
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Bielsko-Biaa.
   Kod NUTS PL225,PL
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania
   terenu oraz na ich podstawie opracowanie penobranowej, kompletnej
   dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz penienie nadzoru
   autorskiego i przyrodniczego podczas realizacji projektu, w ramach
   zadania inwestycyjnego pt. Rewitalizacja miejskich systemów
   nadbrzenych w miecie Bielsko-Biaa.
   1. Nadbrzee potoku Straconka na odcinku od skrzyowania ulic:
   ywieckiej i Górskiej
   do kadki w okolicach ul. Chmurnej, (tj. skarpa) z wyczeniem czci
   terenu objtego projektem Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceskich
    etap II  (szacunkowa powierzchnia ok. 35 567 m2, dugo ok. 2,5
   km.).
   2. Nadbrzee rzeki Biaej od granicy z Gmin Wilkowice do ulicy Bora
   Komorowskiego (szacunkowa powierzchnia ok. 235 997 m2, dugo ok. 4,3
   km).
   3. Nadbrzee rzeki Wapienica na odcinku od mostu na ul. Tartacznej do
   mostu na
   ul. Cieszyskiej (szacunkowa powierzchnia ok. 192 703 m2, dugoci ok.
   3,5 km).
   4. Las Komunalny Cygaski Las oraz cz parkowa przy ul.
   Olszówka/Pocztowa (szacunkowa powierzchnia ok. 4 474 201 m2).
   5. Teren leniczówki przy ul. Ochota 24 (budowa nowego budynku o
   powierzchni uytkowej ok. 250 m2 wraz z wydzieleniem czci lasu).
   6. Zabytkowy budynek po byym przedszkolu przy ul. Grotowej 11 o
   powierzchni uytkowej 668,98 m2 wraz z otaczajcym terenem  czna
   pow. 14 797 m2 (modernizacja
   i adaptacja).
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90711300, 71320000, 71322000, 71240000, 71220000, 79933000, 71242000,
   71313410, 71248000, 79421100
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Szacunkowa warto bez VAT: 1 240 000 PLN
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   w dniach: 550 (od udzielenia zamówienia)
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz
   Urzdu Miejskiego
   w Bielsku-Biaej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biaa, w wysokoci
   40 000 PLN (czterdzieci tysicy zotych), przed upywem terminu
   skadania ofert.
   Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postpowania
   o udzielenie zamówienia.
   W przypadku wadium wnoszonego przez konsorcjum w postaci gwarancji
   ubezpieczeniowej lub bankowej, zaleca si aby w gwarancji wskazywa
   wszystkich czonków konsorcjum.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawc bd dokonywane w walucie
   polskiej.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   Porozumienie cywilno-prawne. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o
   udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówie
   publicznych.
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy którzy
   speni warunki dotyczce:
   1.posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci,
   jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania:zamawiajcy
   nie wprowadza szczegóowych wymaga w tym zakresie
   Sposób dokonywania oceny spenienia warunku: na podstawie owiadczenia
   wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu,
   2.Nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia:
   1. na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówie publicznych
   sposób dokonywania oceny spenienienia warunku: na podstawie
   owiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia i dokumentów.
   2.Nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia
   Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
   sposób dokonywania oceny spenienienia warunku: Wykonawcy, którzy
   nalec do tej samej grupy kapitaowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007
   o ochronie konkrecji i konsumentów, skadajc odrbne oferty w tym
   samym powizania nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji
   pomidzy wykonawcami w postpowaniu o udzielenie zamówienia.Sposób
   dokonywania oceny spenienia warunku: na podstawie owiadczenia
   wykonawcy o spenieniu warunków i dokumentów.Ocena spenienia warunków
   bdzie polega na sprawdzeniu kompletnoci i poprawnoci zoonych
   dokumentów i owiadcze wedug zasady spenia/nie spenia.
   W celu wykazania spenienia warunku udziau w postpowaniu dotyczcego
   braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie
   zamówienia, w okolicznociach o których mowa art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
   naley zoy:
   1. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   2. Aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
   wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert.
   3. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce,
   e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub zawiadczenie, e
   uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
   raty zalegych patnoci
   lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu 
   wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert.
   4. Aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega
   z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub
   potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci
   lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu 
   wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
   ofert.
   5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiony nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiony nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiony nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. Jeeli,
   w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11
   ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania
   poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w
   odniesieniu do nich zawiadczenie waciwego organu sdowego albo
   administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych
   osób w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 ustawy
   Pzp, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
   skadania ofert,
   z tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
   si takich zawiadcze  zastpuje si je dokumentem zawierajcym
   owiadczenie zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym
   albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego miejsca
   zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
    wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunku udziau
   w postepowaniu na zasoby innych podmiotów, które bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego
   podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
   Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Czci VI
   pkt III ppkt 2-7 skada:
   1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub
   miejsce zamieszkania, potwierdzajcy odpowiednio, e:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci  wystawiony
   nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu  wystawiony nie wczeniej
   ni 3 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert.
   2. Zawiadczenie waciwego organu sdowego lub administracyjnego
   miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz,
   w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp 
   wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert.
   Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
   Wykonawca ma siedzib
   lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w
   pkt 1-2,
   zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym okrela
   si take osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
   osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce
   zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem odpowiednich
   terminów.
   w przypadku oferty skadanej przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si
   o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzajce, e
   wykonawca nie podlega wykluczneniu skada kady z wykonawców
   oddzielnie.
   W celu wykazania spenienia warunku udziau w postpowaniu dotyczcego
   braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia
   wykonawcy w okolicznociach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy
   Pzp, wykonawca wraz z ofert winien zoy dokument zawierajcy:
   1. list podmiot ow nalecych do tej samej grupy kapitaowej, w
   rozumieniu ustawy z 16.2.20007 o ochronie konkurencji i konsumentów
   albo
   2. informacj o tym, e Wykonawca nie naley do grupy kapitaowej.
   Uwaga: Wykonawcy, którzy nalec do tej samej grupy kapitaowej, w
   rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkrecji i konsumentów,
   zoyli odrbne oferty w tym samym powizania nie prowadz do
   zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy wykonawcami w postpowaniu o
   udzielenie zamówienia.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
   a) posiadanie rodków finansowych lub zdolnoci kredytowej, na kwot
   nie mniejsz
   ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych);
   b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
   prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zwizanej z przedmiotem
   zamówienia, na kwot nie mniejsz
   ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych) bez limitu na poszczególne
   zdarzenia.
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
   owiadczenia
   o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
   Wykonawc dokumentów.
   1. Owiadczenie o spenieniu warunku udziau w postepowaniu
   2. Informacja banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej,
   potwierdzajca wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno
   kredytow Wykonawcy, na kwot nie mniejszej ni 500 000 PLN (piset
   tysicy z), wystawiona nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem
   terminu skadania ofert.
   Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu spenienia warunków udziau w
   postpowaniu
   na zdolno finansow innych podmiotów, przedkada informacj banku lub
   spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, dotyczc podmiotu, z
   którego zdolnoci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
   ustawy Pzp, potwierdzajc wysoko posiadanych przez ten podmiot
   rodków finansowych lub jego zdolno kredytow  wystawion nie
   wczeniej
   ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert.
   3. Kopia opaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
   potwierdzajcy,
   e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
   prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia, na kwot
   nie mniejsz
   ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych) bez limitu na poszczególne
   zdarzenia.
   W przypadku, gdy z treci polisy ubezpieczeniowej nie wynika fakt jej
   opacenia, Wykonawca zobowizany jest doczy do oferty dowód
   opacenia skadki ubezpieczeniowej.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tych warunków:
   1) posiadania wiedzy i dowiadczenia:
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
   wykonanie w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upywem terminu
   skadania ofert,
   a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie,
   co najmniej:
   a) jednej (1) penobranowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o
   podobnym charakterze, np.: (zagospodarowania terenów nadbrzenych, lub
   rewitalizacji terenów nadbrzenych) o powierzchni min. 1 500 m2.
   b) jednej (1) penobranowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
   zakresie budowy budynku o pow. uytkowej min. 200 m2;
   c) jednej (1) inwentaryzacji przyrodniczej terenu o powierzchni min. 1
   500 m2.
   d) jednego (1) studium wykonalnoci;
   e) jednego (1) nadzoru przyrodniczego;
   f) jednego (1) nadzoru autorskiego;
   wraz z zaczeniem dowodów, e usugi zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie.
   Zamawiajcy dopuszcza moliwo, aby spenienie warunku posiadania
   wiedzy
   i dowiadczenia Wykonawca wykaza na podstawie wykonania osobnych usug
   lub w dowolnym ich poczeniu, z zastrzeeniem, e w kadym przypadku
   musz zosta spenione wymagania dotyczce wartoci poszczególnych
   usug z ich wyszczególnieniem oraz powierzchnia projektowanego budynku
   musi wynosi nie mniej ni 200 m2.
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
   owiadczenia
   o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
   Wykonawc dokumentów.
   2) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym do wykonania
   zamówienia:
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
   owiadczenia Wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu.
   3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
   Dysponowanie osobami posiadajcymi uprawnienia do wykonania niniejszego
   zamówienia, tj. w szczególnoci:
   a) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
   specjalnoci architektonicznej lub odpowiadajce im równowane
   uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeniej obowizujcych
   przepisów, posiadajc
   co najmniej 5-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie
   budowlanych,
   a w przypadku Wykonawców zagranicznych  uprawnienia budowlane do
   projektowania równowane do wyej wskazanych;
   b) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
   specjalnoci inynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadajce im
   równowane uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeniej
   obowizujcych przepisów, posiadajc co najmniej 5-letni sta pracy w
   tym zakresie po uzyskaniu uprawnie budowlanych, a w przypadku
   Wykonawców zagranicznych  uprawnienia budowlane
   do projektowania równowane do wyej wskazanych;
   c) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
   specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze
   cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych
   lub odpowiadajce im równowane uprawnienia budowlane wydane na
   podstawie wczeniej obowizujcych przepisów, posiadajc co najmniej
   3-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie budowlanych, a
   w przypadku Wykonawców zagranicznych  uprawnienia budowlane do
   projektowania równowane do wyej wskazanych;
   d) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
   specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze
   elektrycznych i energetycznych lub odpowiadajce im równowane
   uprawnienia budowlane wydane
   na podstawie wczeniej obowizujcych przepisów, posiadajc co
   najmniej 3-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie
   budowlanych, a w przypadku Wykonawców zagranicznych  uprawnienia
   budowlane do projektowania równowane do wyej wskazanych;
   e) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie architektury krajobrazu lub równowane,
   posiadajc co najmniej 5-letni sta pracy
   w tym zakresie po uzyskaniu dyplomu, a w przypadku Wykonawców
   zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej wskazanego;
   f) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie inynierii rodowiska lub ochrony rodowiska, lub
   równowane, posiadajc
   co najmniej 5-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu dyplomu, a w
   przypadku Wykonawców zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej
   wskazanego;
   g) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie biologii lub równowane, a w przypadku Wykonawców
   zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej wskazanego;
   h) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie ichtiologii lub równowane, a w przypadku
   Wykonawców zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej
   wskazanego;
   i) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie lenictwa lub równowane, a w przypadku
   Wykonawców zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej
   wskazanego;
   j) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie hydrologii lub równowane, a w przypadku
   Wykonawców zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej
   wskazanego;
   k) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
   (magister) w zakresie hydrobiologii lub równowane, a w przypadku
   Wykonawców zagranicznych  wyksztacenie równowane do wyej
   wskazanego;
   Zamawiajcy dopuszcza moliwo, aby spenienie warunku dysponowania
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca potwierdzi na
   podstawie dysponowania jedn (1) osob posiadajc max. 3 w/w
   uprawnienia (wyksztacenie) i penic max. 3 funkcje.
   Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
   owiadczenia
   o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
   Wykonawc dokumentów
   1. Owiadczenie (w oryginale) o spenieniu warunków udziau w
   postpowaniu (w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówie publicznych
   2. Wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
   równie wykonywanych, usug (w oryginale) w zakresie niezbdnym do
   wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia
   w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym
   okresie, z podaniem ich wartoci, powierzchni, przedmiotu, daty
   wykonania i podmiotów, na rzecz których usugi zostay wykonane
   3. Dowody potwierdzajce, e usugi wymienione w w/w wykazie (zgodnie z
   pkt 2) zostay wykonane lub s wykonywane naleycie. Dowodami s:
    powiadczenie, z tym, e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   okresowych
   lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni na 3
   miesice
   przed upywem terminu skadania ofert,
    owiadczenie Wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa powyej.
   W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane
   w wykazie, o którym, mowa w punkcie 2, zostay wczeniej wykonane,
   Wykonawca nie ma obowizku przedkadania dowodów.
   4. Wykaz osób (w oryginale), które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia,
   w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jako,
   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia
   i wyksztacenia niezbdnych
   do wykonana zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie
   czynnoci,
   oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami
   5. Owiadczenia (w oryginale) potwierdzajce, e osoby, które bd
   uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymaganie uprawnienia,
   jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena wykonania zamówienia. Waga 90
   2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   IN.III.271.1.1.2016.SM
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
   do dokumentów: 24.2.2016
   Dokumenty odpatne: tak
   Poda cen: 20 PLN
   Warunki i sposób patnoci: Patne w kasie Urzedu Miejskiego w
   Bielsku-Biaej, pl. Ratuszowy 6.
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   1.3.2016 - 10:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 1.3.2016 - 12:00
   Miejscowo:
   Bielsko-Biaa, pl. Ratuszowy 7, Wydzia Inwestycji II pitro pok. 21
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: tak
   Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
   Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2014-2020
   (dalej: RPO WSL 2014-2020).
   VI.3)Informacje dodatkowe
   1. Pisemne zobowizanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania
   Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia, w celu udowodnienia,
   i Wykonawca bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia
    w przypadku, gdy Wykonawca wskae, e bdzie polega na wiedzy i
   dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
   zamówienia, zdolnociach ekonomicznych lub finansowych innych
   podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
   stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)
   Tre zobowizania innego podmiotu powinna jednoznacznie wskazywa na
   zakres zobowizania tego podmiotu, okrela czego konkretnie dotyczy
   zobowizanie
   oraz w jaki sposób bdzie ono wykonywane i w jakim okresie.
   2. Owiadczenie Wykonawcy (na formularzu Oferta:
    zwizaniu ofert przez okres 60 dni;
    zdobyciu informacji koniecznych do sporzdzenia oferty;
   ü-zapoznaniu si z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
   Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami i przyjciu tych
   warunków bez zastrzee;
    terminie wykonania przedmiotu zamówienia;
    zobowizaniu si do zawarcia umowy na warunkach okrelonych we Wzorze
   umowy.
   3. Penomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców
   ubiegajcych si wspólnie (konsorcja, spóki cywilne) o przedmiotowe
   zamówienie, okrelajce zakres udzielonego penomocnictwa (penomocnik
   winien by powoany przez wszystkich Wykonawców ubiegajcych si
   wspólnie o zamówienie);
   4. Upowanienie (penomocnictwo) do podpisania oferty, doczone do
   oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
   Penomocnictwo naley doczy w oryginale bd kopii, potwierdzonej za
   zgodno z oryginaem;
   5. Istotne postanowienia umowy:
   a). Zmiana nin. umowy moe nastpi w nastpujcych przypadkach:
   1) opisanych w poprzedzajcych paragrafach nin. umowy,
   2) co do nieistotnych postanowie nin. umowy,
   3) co do istotnych postanowie nin. umowy, z wanych powodów, a w
   szczególnoci,
   o ile jest ona konieczna i wynika z okolicznoci, których nie mona
   byo przewidzie
   w chwili zawarcia nin. umowy.
   b). Wpyw warunków atmosferycznych na wykonywanie usugi, który
   naleao wzi
   pod uwag podczas zawierania nin. umowy oraz strajk pracowników
   i/lub podwykonawców, nie bd uznawane przez Zamawiajcego za
   okolicznoci siy wyszej.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587800
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Wykonawcy,
   a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia interes w uzyskaniu
   danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w wyniku
   naruszenia przez zamawiajcego przepisów ustawy Prawo zamówie
   publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy
   z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
   ze zm.) przysuguje odwoanie wycznie od niezgodnej z przepisami
   ustawy Pzp czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie
   zamówienia lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest
   zobowizany na podstawie ustawy.
   2. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
   Zamawiajcego,
   której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy Pzp, zawiera
   zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz wskazywa
   okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwoania.
   3. Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
   elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
   4. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
   terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
   z jego treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i
   Zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu
   do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed
   upywem terminu
   do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w art. 27
   ust. 2.
   5. Odwoanie wnosi si:
   a) w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
   Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli informacje
   zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
   w terminie 15 dni  jeeli zostay przesane w inny sposób;
   b) wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec postanowie
   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia
   publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
   zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
   internetowej;
   c) wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt. 6 a) i b)  odwoanie
   wnosi si w terminie
   10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej
   starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych
   podstaw jego wniesienia.
   7. W przypadku wniesienia odwoania wobec treci ogoszenia o
   zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
   Zamawiajcy moe przeduy termin skadania ofert.
   8. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania ofert
   bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogoszenia
   przez Krajow Izb Odwoawcz orzeczenia.
   9. Szczegóowe przepisy dotyczce rodków ochrony prawnej zawarte s w
   Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
   10. W sprawach nieuregulowanych nin. Specyfikacj Istotnych Warunków
   Zamówienia maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych
   oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postepu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587800
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bewachungsdienste - RO-Galati
Bewachungsdienste
Dokument Nr...: 26073-2016 (ID: 2016012609194064865)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  RO-Galati: Bewachungsdienste
   2016/S 17/2016 26073
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   SC Gospodarire Urbana SRL
   Str. Traian nr. 246
   Zu Händen von: Aurelia Stoian, Andreea Stoica
   800186 Galati
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 0236477102
   E-Mail: [4]sp_adpgalati@yahoo.com
   Fax: +40 0236477102
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]www.e-licitatie.ro
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79713000
   Beschreibung
   Bewachungsdienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 26.2.2016 - 13:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   29.2.2016 - 09:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Rumänisch.
References
   4. mailto:sp_adpgalati@yahoo.com?subject=TED
   5. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 26/01/2016    S17    - - Servicii - Anun de participare - licitaie
   deschis
   România-Galati: Servicii de paz
   2016/S 017-026073
   Anun de participare
   Servicii
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   SC Gospodarire Urbana SRL
   Str. Traian nr. 246
   În atenia: Aurelia Stoian, Andreea Stoica
   800186 Galati
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 0236477102
   E-mail: [6]sp_adpgalati@yahoo.com
   Fax: +40 0236477102
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa profilului cumprtorului: [7]www.e-licitatie.ro
   Alte informaii pot fi obinute de la: Punctul (punctele) de contact
   menionat(e) anterior
   Caietul de sarcini i documente suplimentare (inclusiv documentele
   pentru dialog competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi
   obinute de la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
   Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul
   (punctele) de contact menionat(e) anterior
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Altele: societate de administrare, intretinere si exploatare a
   domeniului public al municipiului Galati
   I.3)Activitate principal
   Altele: servicii de administrare, intretinere si exploatare a
   domeniului public al municipiului Galati
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului de autoritatea contractant:
   Acord cadru de servicii de paza si protectie a obiectivelor aflate in
   administrarea Gospodarire Urbana SRL 2016-2017.
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Servicii
   Categoria de servicii nr 23: Servicii de investigaie i protecie, cu
   excepia serviciilor de transport cu vehicule blindate
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Municipiul Galati.
   Cod NUTS RO224
   II.1.3)Informaii privind contractul de achiziii publice,
   acordul-cadru sau sistemul de achiziie dinamic (SAD)
   Anunul implic încheierea unui acord-cadru
   II.1.4)Informaii privind acordul-cadru
   Acord-cadru cu un singur operator economic
   Durata acordului-cadru
   Durata în luni: 12
   Valoarea total estimat a achiziiilor pentru întreaga durat a
   acordului-cadru
   Valoarea estimat fr TVA:
   Intervalul: între 298 417,68 i 1 046 557,20 RON
   Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite:
   Primul contract subsecvent se va incheia in luna mai 2016, al doilea
   contract subsecvent in luna septembrie 2016, iar al treilea in luna
   decembrie 2016.
   II.1.5)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   Acord cadru de prestare de servicii de paza si protectie pentru
   obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
   Galati: minimum 32.472 ore de prestare  maximum 113.880 ore de
   prestare, in perioada 1.5.2016  30.4.2017.
   II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   79713000
   II.1.7)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): nu
   II.1.8)Loturi
   Contractul este împrit în loturi: nu
   II.1.9)Informaii privind variantele
   Vor fi acceptate variante: nu
   II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
   II.2.1)Cantitatea total sau domeniul:
   Acord cadru de prestare de servicii de paza si protectie pentru
   obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
   Galati: minimum 32.472 ore de prestare  maximum 113.880 ore de
   prestare, in perioada 1.5.2016  30.4.2017.
   Autoritatea contractanta preconizeaza atribuirea urmatoarelor
   contracte, subsecvente acordului-cadru de servicii de paza si protectie
   care se vor incheia, dupa cum urmeaza:
   a) primul contract subsecvent se va incheia in perioada 1.5. 
   31.8.2016, rezultand urmatoarele cantitati estimative:
   o Minimum (fara posturile de rezerva):  123 zile x 264 ore de
   prestare/zi = 32 472 ore de prestare = 298 417,68 RON, fara TVA;
   o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva de 24 ore):  123 zile
   x 312 ore de prestare/zi = 38.376 ore de prestare = 352 675,44 RON,
   fara TVA
   b) al doilea contract subsecvent se va incheia in perioada 1.9. 
   31.12.2016 rezultand urmatoarele cantitati estimative:
   o Minimum (fara posturile de rezerva):  122 zile x 264 ore de
   prestare/zi = 32 208 ore de prestare = 295 991,52 RON, fara TVA;
   o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva de 24 ore):  122 zile
   x 312 ore de prestare/zi = 38 064 ore de prestare = 349 808,16 RON,
   fara TVA;
   c) al treilea contract subsecvent se va incheia in perioada 1.1. 
   30.4.2017 rezultand urmatoarele cantitati estimative:
   o Minimum (fara posturile de rezerva):  120 zile x 264 ore de
   prestare/zi = 31 680 ore de prestare = 291 139,20 RON, fara TVA
   o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva):  120 zile x 312 ore
   de prestare/zi = 37 440 ore de prestare = 344 073,60 RON, fara TVA.
   Cantitati minime si maxime care, in temeiul art. 66 lit. f) din HG nr.
   925/2006, pot face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul
   subsecvent nr. I: Min. 32 472 ore de prestare  max. 38 376 ore de
   prestare.
   Mentiune:
   Pentru determinarea pretului unitar estimat/ora de prestare si
   implicit, a valorii estimate a acordului-cadru, autoritatea
   contractanta a avut in vedere prevederile HG nr. 1017/30.12.2015
   privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in
   plata (recte, 1 250 RON, incepand cu data 1.5.2016), preturile
   prestatorilor de servicii de paza si protectie, din catalogul
   electronic de produse/servicii/lucrari, afisate in SEAP incepand cu
   luna septembrie 2015 (in cursul careia a fost publicata Legea nr.
   227/2015 privind codul fiscal) precum si pretul contractat de catre
   autoritatea contractanta pentru serviciile de paza in cursul anului
   2015.
   Valoarea estimat fr TVA:
   Intervalul: între 298 417,68 i 1 046 557,20 RON
   II.2.2)Informaii privind opiunile
   Opiuni: nu
   II.2.3)Informaii privind reînnoirile
   II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
   Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
   Seciunea III: Informaii juridice, economice, financiare i tehnice
   III.1)Condiii referitoare la contract
   III.1.1)Depozite i garanii solicitate:
   1. Cuantumul garantiei de participare: 20 930 RON.
   2. Perioada de valabilitate: cel putin 180 zile de la data termenului
   limita de depunere a ofertei.
   3. Garantia constituita de catre ofertantul incadrat in categoria
   IMM-urilor, va fi admisa in cuantum de 50 % fata de suma solicitata,
   daca ofertantul va completa Declaratia de incadrare in categoria
   IMM-urilor conform formular; sunt considerati ofertanti tip IMM acei
   ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM.
   Daca ofertantii opteaza pentru constituirea garantiei de participare in
   valuta se va avea in vedere echivalenta leu/alta valuta comunicata de
   BNR, la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
   4. Modul de constituire: virament bancar; depunerea la casierie a unui
   OP/fila cec, cu conditia confirmarii acestora de banca pâna la data
   deschiderii ofertelor in contul RO98RZBR0000060012910105 Raiffeisen
   Bank, cod fiscal RO27413181; printr-un instrument de garantare emis
   conform legii, avand perioada de valabilitate, cel putin egala cu
   oferta,emis în favoarea achizitorului, conform formular 
   Scrisoare/instrument de garantare eliberat de o banca/societate de
   asigurari, de preferabil cu sediul in Romania sau care sa aiba
   corespondent in Romania, prezentata in original. Instrumentul de
   garantare, eliberat de o banca/societate de asigurari din strainatate
   va fi prezentat în original, va fi însotit de traducerea legalizata si
   autorizata în limba româna. In orice situatie, dovada constituirii
   garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la
   data si ora stabilite pentru deschiderea ofertei. Cuantumul garantiei
   de buna executie  5 % din valoarea, fara TVA, a fiecarui contract
   subsecvent care se va atribui;  forma de constituire -instrument de
   garantare, care devine anexa la contract, emis in conditiile legii de o
   societate bancara ori de asigurari, preferabil din Romania sau care sa
   aiba corespondent in Romania, care se prezinta in original; Garantia
   constituita de contractantul incadrat conform Legii 346/2004, in
   categoria IMM, va fi admisa in cuantum de 50 % fata de suma solicitata.
   Eliberarea garantiei de buna-executie:se face cf. art. 92 alin. 2 din
   HG 925/2006 cu modif. si compl. uterioare. AC-ul are dreptul de a emite
   pretentii asupra garantiei de buna-executie, in limita prejudiciului
   creat, daca furnizorul nu isi executa/executa cu intarziere/executa
   necorespunzator obligatiile asumate prin contr. subscv. Anterior
   emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna-executie, AC are
   oblig. de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata
   obligatiile care nu au fost respectate.
   III.1.2)Principalele condiii de finanare i modaliti de plat
   i/sau trimitere la dispoziiile relevante care le reglementeaz:
   Buget propriu.
   III.1.3)Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici
   cruia i se atribuie contractul:
   Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
   completarile ulterioare.
   III.1.4)Alte condiii speciale
   Executarea contractului este supus unor condiii speciale: nu
   III.2)Condiii de participare
   III.2.1)Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele
   referitoare la înscrierea în registrul comerului sau al profesiei
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor: a) Completare Formular  Declaratie pe propria raspundere
   privind neincadrarea în dispozitiile articolului 180 din Ordonanta -În
   cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar
   si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare
   sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei;
   b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea în
   dispozitiile articolului 181 din Ordonanta  completare Formular  În
   cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia
   de a demonstra indeplinirea ceriintei iar, in cazul in care, oferta
   este sustinuta de catre un tert, acesta va prezenta o declaratie
   privind neincadrarea in prevederile art. 181, doar pentru lit. a), c^1)
   si d) din OUG nr. 34/2006)
   c) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor
   exigibile de plata (taxe si impozite catre stat cat si locale) 
   formulare tip emise de catre autoritatile competente, din care sa
   reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
   anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
   ofertelor,în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
   conform cu originalul. Facem precizarea ca, in masura in care procedura
   de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei
   datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o
   declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr.
   925/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 alin 4 din
   HG 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria
   raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, atunci
   inseamna ca devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul
   nr. 509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in
   considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind
   plata de catre ofertant a taxelor, contributiilor, impozitelor de stat
   si respectiv, locale, atat declaratia pe propria raspundere prin care
   se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare
   fiscala prezentate de catre ofertant, in termen de 3 zile lucratoare
   care curg de la solicitarea autoritatii contractante, chiar daca
   acestea sunt emise de catre autoritati competente ulterior datei de
   deschidere a ofertelor, si eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior
   datei respective.
   Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare
   (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care
   sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
   taxelor si contributiilor catre buget. In cazul in care in tara de
   origine sau rezidenta nu se elibereaza astfel de certificate,
   ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau o
   declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati
   administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
   competenta in acest sens. Documentele emise de catre autoritatile
   abilitate trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente in
   luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere
   a ofertelor.
    Nota: cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat
   inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care
   s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea
   contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul
   economic care inregistreaza datorii la bugetul general consolidat,
   precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).
   d) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
   completare Formular;
   e) Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile
   articolului 69^1-completare Formular(persoanele cu functii de decizie
   din cadrul autoritatii contractante) in ceea ce priveste aceasta
   procedura sunt: Vrabie Tincuta; Bacalum Silviu; Popa Tincuta; Simion
   Ionita; Grecu Sorin; Serban Ecaterina-Lidia; Borcea Ionel; Bogean
   Octaviana-Carmen; Tinca Podaru; Secuianu Dorian-Paul; Topala
   Razvan-Ciprian; Bocaneala Iulian-Marius; Marilena Calieanu; Constantin
   Constanta; Adrian Serghe; Aurelia Stoian; Stoica Andreea-Camelia; Radu
   Maria-Magdalena; Elena-Corina Lascu; Doinita-Duduta Scutarasu; Dima
   Mihai-Iulian; Camelia Melinte; Daniela Nicolae, Eugen Oprea, Alina
   Nitu, Brudiu Gabriela-Gianina. Daca este cazul,subcontractantul cat si
   tertul sustinator si de asemenea, ofertantul asociat va completa
   declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1.
   Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care
   are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de
   conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane
   care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea, inclusiv
   sau care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de
   decizie in cadrul AC-ului este exclus din procedura de atribuire. a)
   Certificat constatator emis de catre Oficiul Nationala al Registrului
   Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte: 
   adresa actuala si obiectul de activitate principal precum si cele
   secundare ale persoanei juridice, in original /in copie legalizata/ in
   copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Se solicita ca
   obiectul contractului sa aiba corespondent pentru codul CAEN din
   Certificatul constatator emis de ONRC, conf. Ordin nr. 509/2011. In
   cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prez. certif.
   constatator in copie lizibila,insotita de mentiuneaconform cu
   originalul,i se va solicita prezentarea acestui document in
   original/copie legalizata. Persoanele juridice straine vor prezenta
   documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca
   persoana juridica, traduse in limba romana -original/copie
   legalizata/copie lizibila insotita de mentiuneaconform cu originalul.
   Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa
   desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac
   obiectul prezentei achizitii.
   b) Licenta de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al
   politiei Romane/Inspectoratul Judetean de politie, cu avizul prealabil
   al Serviciului Roman de Informatii, valabila la data deschiderii
   ofertelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, art. 19
   alin. (2)  operatorul economic va prezenta licenta de functionare
   pentru desfasurarea activitatilor de paza, protectie  copie
   certificata sau copie simpla cu mentiunea conform cu originalul. In
   cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna,
   cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati 
   respectiv, subcontractantul, daca este cazul  detine autorizatia
   solicitata si numai cu condita ca acesta sa execute integral partea din
   contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Tertul nu
   poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizari, un operator
   economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se
   poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila. 
   art. 7 alin. (1) si (2) din Ordinul nr. 509/2011.
   c) Avizul pentru conducatorii societatii de paza din partea
   Inspectoratului General al Politiei Romane/Inspectoratul Judetean de
   Politie in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea
   respectiva sau al Directiei Generale de Politie a municipiului
   Bucuresti, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003,
   art. 19 alin. (9)  se vor prezenta avizele pentru toti conducatorii
   societatii  copie certificata sau copie simpla cu mentiunea conform
   cu originalul. In cazul unei oferte comune se vor prezenta avizele
   pentru conducatorii tuturor societatilor asociate cat si avizele pentru
   conducatorii subcontractantilor.
   d) Autorizatie/Certificat penru detinere de armament cu munitie
   neletala, valabila la data deschiderii ofertelor, eliberata de catre
   Inspectoratul judetean de Politie, in temeiul Legii nr. 295/2004
   privind regimul armelor si al munitiilor  operatorul economic va
   prezenta copie certificata sau copie simpla cu mentiunea conform cu
   originalul de pe aceasta. In cazul in care un grup de operatori
   economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata
   indeplinita daca unul dintre asociati  respectiv, subcontractantul,
   daca este cazul- detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca
   acesta sa execute integral partea din contract pentru care este
   solicitata aceasta autorizare.
   Precizari suplimentare:
   1. Reiteram faptul ca, in cazul unei oferte comune, in masura in care
   autorizatiile sunt solicitate de catre autoritatea contractanta, la
   criteriul de calificare capacitatea de exercitare a activitatii
   profesionale, aceasta conditie este indeplinita daca unul dintre
   asociati  respectiv, subcontractantul, daca este cazul  detine
   autorizatia solicitata si numai cu condita ca acesta sa execute
   integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea
   respectiva. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de
   autorizari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest
   gent de autorizare se poate utiliza in nume numai propriu, nefiind o
   resursa transferabila.  art. 7 alin. (1) si (2) din Ordinul nr.
   509/2011;
   2. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta
   nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba
   în care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în
   limba româna. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat
   în clar numele întreg al persoanei semnatare;
   3. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea
   contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu
   originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in
   cauza.
   4. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar
   numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari. Daca
   exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic,
   autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de
   la autoritatile competente.
   III.2.2)Capacitatea economic i financiar
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor: Informatii privind situatia economico-financiara
   Declararea cifrei de afaceri medii anuale globale anuale pe ultimii 3
   ani (2015, 2014 si 2013)  cel putin egala cu suma de 705 350 RON.
   Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/EUR
   comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte si anume, 2015  1
   EUR = 4,4450 RON, 2014  1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013  1 EUR =
   4,4190 RON.
   Nota: in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
   acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul;
   Nota: in cazul in care ofertantul apeleaza la sustinerea unui sau a
   multor terti, aceasta conditie, a cifrei de afaceri, trebuie
   indeplinita in intregime de catre un singur tert, tinand cont de faptul
   ca cifra de afaceri este o resursa netransferabila.
   Nota: Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform
   art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 beneficiaza de o reducere cu
   50 % a valorii cifrei de afaceri.
   Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se solicita:
    Fisa de informatii generale despre ofertant cu declararea mediei
   cifrei de afaceri globale anuale in ultimii 3 ani;
    Bilantul contabil /extras din bilant din ultimii 3 ani si anume,
   2015, 2014 si 2013, vizate si inregistrate la organele competente
   si/sau alte documentele legale edificatoare prin care ofertantul isi
   poate dovedi indeplinirea media cifrei de afaceri globale anuale impuse
   in ultimii 3 ani  in original, copie legalizata sau copie lizibila
   certificata conform cu originalul semnata si stampilata. Operatorul
   economic poate prezenta orice alt document, in masura in care acesta
   reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si din
   motive temeinic justificate nu pot prezenta bilanturile contabile,
   conform art. 185 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.
   Nota: in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
   acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul;
   Nota: in cazul in care ofertantul apeleaza la sustinerea unui sau a
   multor terti, aceasta conditie trebuie indeplinita in intregime de
   catre un singur tert, tinand cont de faptul ca cifra de afaceri este o
   resursa netransferabila.
   Nota: Pentru persoanele juridice straine se accepta in cazul in care
   publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de catre legislatia
   tarii in care este stabilit ofertantul prezentarea oricaror documente
   edificatoare prin care acesta isi poate dovedi indeplinirea mediei
   cifrei de afaceri globale anuale impuse  in original, copie legalizata
   sau copie lizibila certificata conform cu originalul semnata si
   stampilata.
   Nota: Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform
   art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 beneficiaza de o reducere cu
   50 % a valorii cifrei de afaceri.
   III.2.3)Capacitatea tehnic
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor:
   Cerinta 1
   Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana
   la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de
   prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati
   contractante sau clienti privati.
   Nota: Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere
   cursul mediu anual comunicat de catre BNR si anume, 2015  1 EUR =
   4,4450 RON, 2014  1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013  1 EUR = 4,4190
   RON.
   Cerinta 2
   Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de catre ofertant a
   prestarii, in ultimii 3 ani, de servicii similare obiectului prezentei
   proceduri in cadrul unuia sau a maximum 2 contract (e) a carui/a caror
   valoare cumulata sa fie de minimum 352 000 RON.
    Ofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul
   certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
   de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca a prestat servicii
   similare care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
   Nota:
   1) Se vor lua in consideratie numai serviciile prestate si duse la bun
   sfarsit in aceasta perioada;
   2) Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere cursul
   mediu anual comunicat de catre BNR, recte, 2015  1 EUR = 4,4450 RON,
   2014  1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013  1 EUR = 4,4190 RON.
   3) Documentele prin care ofertantul isi va dovedi experienta similara
   trebuie sa faca referire la servicii prestate in ultimii 3 ani,
   calculati de la data limita de depunere a ofertelor.
   În cazul în care certificatele/documentele care confirma experienta
   similara sunt emise în alta limba decât româna, acestea vor fi
   transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a
   acestora în limba româna.
   Nota: in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive
   obiective, ofertantul nu poate obtine o confirmare din partea acestuia,
   atunci el poate prezenta o declaratie sau orice alt document pe propria
   raspundere.
   Cerinta 3
   Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat din care sa
   rezulte resursele de personal de care dispune operatorul economic.
   Declaratia va cuprinde:
    efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani
   (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cu
   evidentierea personalului de conducere responsabil pentru indeplinirea
   acordului-cadru, pentru care ofertantul va anexa CV-urile acestora;
    referirea, pe propria raspundere a conducatorului
   societatii/liderului asocietiei, dupa caz, din care sa rezulte ca
   personalul de paza ce va fi folosit in cadrul acordului-cadru cu
   societatea Gospodarire Urbana SRL Galati, inclusiv cel provenind de la
   subcontractanti, daca este cazul, va indeplini toate conditiile de
   aptitudine fizica si psihica, agentii de paza trebuind sa aiba
   obligatoriu certificat de absolvire a cursului de calificare
   profesionala, analize medicale, testare psihologica, dupa caz.
   Cerinta 4
   Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele
   tehnice, din care sa rezulte ca sunt suficiente pentru indeplinirea
   corespunzatoare a acordului-cadru. Se va stipula expres ca operatorul
   economic poate asigura (din dotarea proprie si/sau prin contracte sau
   conventii de inchiriere, etc) acele echipamente, mijloace fixe si
   dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea
   acordului-cadru de servicii. De asemenea, din declaratie trebuie sa
   rezulte si faptul ca operatorul economic dispune de:
    Echiparea si dotarea personalului de paza cu uniforma, insemne
   distinctive in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, Se va
   prezenta inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
   (OSIM) cu modelul de uniforma si lista cu echipamentul de protectie a
   agentilor de paza atat pentru personalul propriu, cat si personalul
   apartinand celorlalti asociati sau a subcontractantilor desemnati care
   vor fi utilizati la prestarea serviciilor, dupa caz.
    echipe mobile de interventie rapida la nivelul municipiului Galati,
   dotate cu cel putin 2 agenti de paza care pot sa acopere toate
   obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
   Galati. Autoturismele trebuie sa fie inmatriculate;
    Dispecerat de monitorizare care sa acopere obiectivele administrate
   de catre Gospodarire Urbana SRL din municipiul Galati. Dispeceratul
   trebuie sa fie avizat de catre Inspectoratul General al
   Politiei/Inspectoratul Judetean de Politie, dupa caz. In cazul
   asocierii cu alte societati sau in cazul subcontractantilor desemnati,
   se vor prezenta avizele acestora. In cazul inchirierii de dispecerate
   zonale de la alte societati, se vor prezenta in copie certificata cu
   mentiunea conform cu originalul, contractele si avizele acestora,
   valabile si emise de catre IGPR teritorial.
   Cerinta 5
   Declaratie privind partea/partile din contract care, eventual, se
   intentioneaza a se subcontracta
   Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din OUG nr.
   34/2006, subcontractantul/subcontractantii implicati in procedura, vor
   completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea
   in prevederile ar. 69^1 din ordonanta, indicand denumirea, sediul, nr.
   de inmatriculare de la ONRC, CUI. Resursele materiale si umane ale
   subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de
   implicare in acordul-cadru/contractul ce urmeaza a fi indeplinit
   Certificat in sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau
   echivalent  copie simpla certificata conform cu originalul semnata
   si stampilata de catre operatorul economic, de pe documentele emise de
   catre organismele independente care atesta implementarea, mentinerea si
   respectarea sistemul de management al calitatii in domeniul supus
   achizitiei, recte ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita
   de depunere a ofertelor.
   Nota: In cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune
   aceste oferte.
   Nota: Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu
   poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
   Certificat in sistemul managemetului mediului ISO 14001 sau echivalent
    copie simpla certificata conform cu originalul semnata si
   stampilata de catre operatorul economic, de pe documentele emise de
   catre organismele independente care atesta implementarea, mentinerea si
   respectarea sistemul de management al mediului in domeniul supus
   achizitiei, recte ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita
   de depunere a ofertelor.
   Nota: In cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune
   aceste oferte.
   Nota: Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu
   poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
   Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
   Prezentarea Formular  Declaratie privind Lista principalelor prestari
   de servicii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere
   a ofertelor).
   Se soliciata:
    Formular  Experienta similara;
    copii lizibile conform cu originalul de pe
   certificate/contracte/orice alte documente emise sau contrasemnate de
   catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte
   executarea la nivelul unui contract  maximum 2 contracte de servicii
   similare obiectului prezentei proceduri de atribuire, (e) a carui/a
   caror valoare cumulata sa fie de minimum 352 000 RON.
    Ofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul
   certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
   de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca a prestat servicii
   similare care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
   Nota:
   1) Se vor lua in consideratie numai serviciile prestate si duse la bun
   sfarsit in aceasta perioada;
   2) Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere cursul
   mediu anual comunicat de catre BNR, recte, 2015  1 EUR = 4,4450 RON,
   2014  1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013  1 EUR = 4,4190 RON.
   3) Documentele prin care ofertantul isi va dovedi experienta similara
   trebuie sa faca referire la servicii prestate in ultimii 3 ani,
   calculati de la data limita de depunere a ofertelor.
   În cazul în care certificatele/documentele care confirma experienta
   similara sunt emise în alta limba decât româna, acestea vor fi
   transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a
   acestora în limba româna.
   Nota: in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive
   obiective, ofertantul nu poate obtine o confirmare din partea acestuia,
   atunci el poate prezenta o declaratie sau orice alt document pe propria
   raspundere.
   Prezentare Formular  Declaratie privind numarul mediu al personalului
   angajat, care trebuie sa cuprinda referirea, pe propria raspundere a
   conducatorului societatii ofertante/liderului asociatiei, din care sa
   rezulta ca personalul de paza ce va fi folosit in cadrul
   acordului-cadru cu societatea Gospodarire Urbana SRL Galati, inclusiv
   cel provenind de la subcontractanti, daca este cazul, va indeplini
   toate conditiile de aptitudine fizica si psihica agentii de paza,
   trebuind sa aiba obligatoriu certificat de absolvire a cursului de
   calificare profesionala, analize medicale, testare psihologica, dupa
   caz.
   Se solicita:
    formular  Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile,
   echipamentele tehnice;
    Copia certificatelor de inmatriculare a fiecarui autovehicul (unitate
   mobila de interventie) mentionat in declaratie;
    Fotografii cu insemnele distinctive si inregistrarea la Oficiul de
   Stat pentru Inventii si Marci, cu modelul de uniforma si lista cu
   echipamentul de protectie a agentilor de paza, atat pentru personalul
   propriu, cat si personalul apartinand celorlalti asociati sau a
   subcontractantilor desemnati care vor fi utilizati la prestarea
   serviciilor, dupa caz.
    Avizul favorabil/aprobarea emisa de catre IGP/IJP pentru dispeceratul
   de monitorizare de pe raza municipiului Galati.
   Prezentare formular  Declaratie privind partea/partile din contract
   indeplinite de catre subcontractanti, daca este cazul.
   Prezentare formular emis de catre autoritatile competente  copie
   legalizata sau copie simpla cu mentiunea conform cu originalul.
   III.2.4)Informaii privind contractele rezervate
   III.3)Condiii specifice pentru contractele de servicii
   III.3.1)Informaii privind o anumit profesie
   Prestarea serviciilor în cauz este rezervat unei anumite profesii: nu
   III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
   Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile
   profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
   serviciilor respective: nu
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Deschis
   IV.1.2)Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte
   oferte sau s participe
   IV.1.3)Reducerea numrului de operatori economici în timpul negocierii
   sau al dialogului
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   Se va organiza o licitaie electronic: da
   Informaii suplimentare despre licitaia electronic: Autoritatea
   contractanta va invita, prin intermediul SEAP, toti ofertantii care au
   depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.
   Obiectul procesului repetitiv: pretul, fara TVA/cantitatea maximala de
   ore de prestare.
   Eventualele limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit
   pretul ofertei: nu exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202
   din OUG nr. 34/2006.
   Informatii la care au accest ofertantii in timpul etapei finale de
   licitatie electronica:
    ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;
    Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie:
   da;
    Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului:
   nu;
    Se va utiliza pasul de licitatie: nu.
   Etapa finala se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 (una)
   zi, cara va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la data transmiterii
   invitatiei de participare catre toti ofertantii care au depus oferte
   admisibile.
   Tuturor ofertantilor care si-au imbunatatit propunerea financiara in
   cadrul etapei finale de licitatie electronica, le incumba obligatia de
   a depune, in original, la registratura autoritatii contractante, in
   termen de maximum 3 zile lucratoare, oferta financiara cu noul pret
   rezultat din SEAP. In cazul in care un ofertant nu modifica in cadrul
   etapei finale de licitatie electronica elementele ofertei care fac
   obiectul procesului repetitiv, la clasamentul final este luata in
   considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei
   etape, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea
   contractanta.
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant:
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   nu
   IV.3.3)Condiii de obinere a caietului de sarcini i a documentelor
   suplimentare sau a documentului descriptiv
   Termen limit pentru primirea cererilor de documente sau de acces la
   documente: 26.2.2016 - 13:00
   Documente contra cost: nu
   IV.3.4)Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
   participare
   29.2.2016 - 09:00
   IV.3.5)Data expedierii invitaiilor de prezentare de oferte sau de
   participare ctre candidaii selectai
   IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactat oferta sau cererea
   de participare
   român.
   IV.3.7)Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s îi
   menin oferta
   în zile: 180 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
   IV.3.8)Condiii de deschidere a ofertelor
   Data: 29.2.2016 - 11:00
   Locul:
   Mun. Galati, strada Traian nr. 246.
   Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: da
   Informaii suplimentare despre persoanele autorizate i procedura de
   deschidere: Reprezentantii ofertantilor care trebuie sa posede asupra
   lor imputernicire si copie de pe actul de identitate.
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii privind periodicitatea
   Aceast achiziie este periodic: nu
   VI.2)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: nu
   VI.3)Informaii suplimentare
   1. Op. ec. indif. de forma de particip(ofertant/asociat/subcontr./tert
   sust.) compl. Decl. privind cal. de particip la proc.;
   2. Ofertele dep. dupa data limita vor fi decl. întârziate si returnate
   nedesch.
   3. Posib. retragerii sau modif. ofertei: Orice ofertant are dreptul de
   a-si modif./retrage oferta numai inainte de data lim. stab. ptr. dep.
   of., printr-o solic. scrisa. Daca ofertantul doreste sa modif. oferta
   depusa, el are oblig. de a asig. primirea si inregistr. modificarii
   resp. de AC pana la data lim. pt. dep. ofer. Pt. a fi consid. parte a
   ofer, modific. trebuie prez. in cf. cu preved. de mai sus cu oblig. ca
   pe plicul ext. sa se marcheze si inscriptia modificari ale ofertei.
   4. Deschiderea of.:Ofer. se vor desch. la sediul postal al AC, la
   data+ora din anuntul de part. Orice ofertant are drpt. de a partic. la
   desch. ofertelor. În sedinta de desch. Nu se analiz. niciun doc.Analiza
   doc. de calif. si a ofer. se face într-o sed. ulterioara.
   5. Eval. ofertelor: Respingere ofer.:a)În cadrul sed. de desch. se
   resping ofer. care se afla într-una din urm. sit.: a. 1 au fost dep.
   dupa data+ora limita de dep./la alta adresa decât cea stab. în anuntul
   de part.; a. 2 nu sunt însotite de gar. de particip. astfel cum a fost
   solic. în Fisa de date;
   b) În etapa de eval. a ofer. vor fi respinse ofer. inaccept. si
   neconforme.
   c) Departajarea ofer. clasate pe loc 1 cu preturi egale: daca in urma
   desf. fazei finale de LE, se constata ca exista oferte cu preturi
   egale, clasate pe loc I, atunci AC va solicita reofer. in plic
   inchis,in ved. departajarii ofrt., cf. crit. de atribuire-pretul cel
   mai scazut. Asocierea  fiecare asociat va prez. propriul dosar
   cuprinz. doc. de calif. ptr. partea sa de implicare cf. Anexa2-Ord.
   ANRMAP 509/2011: indepl. cerintelor min. priv. capacit. tehn. si
   profes. se demonst. prin luarea in consid. a resurselor tuturor membr.
   grupului cf. OUG 34/2006, art. 190 alin. 3; pt. indepl. Oblig. prev. la
   art. 66 OUG 34/2006,asociatii implicati in proc., vor compl. o decl. pe
   pr. rasp. cu priv. la neincadr. in preved. art. 69^1 OUG. Totodata, se
   solic. membr. asoc. sa nu se incadr. in preved. art. 180+181 OUG
   34/2006. Info. priv. tertul sustinator ec. si fin.-daca ofertantul isi
   demonstr. sit. ec. si fin. invocand si sust. acordata de un tert (art.
   186 OUG 34/2006) at. acesta are oblig. de a dovedi sust. de care
   beneficiaza prin compl. si prezent. unui angaj. ferm al pers. resp.,
   prin care confirma ca va pune la disp. ofertantului, in speta,
   resursele fin. invocate. Pers. fiz./jur. care asig. sust. fin. nu
   trebuie sa fie in sit. ce determ. excl. din proced. conf. art. 180+181
   lit. a), c1) si d) si art. 69^1  OUG 34/2006  se va compl. Form.
   Angaj. priv. sust. fin. a ofertantului/candid./grp. de op. ec., insotit
   de fisa info. Gen. in care este decl. media CA globale anuale (MCAGA) 
   ultimii 3 ani si de bilant contabil/extrase din bilant vizate + inrg.
   la organele competente si/sau alte doc. legale edif. prin care
   ofertantul isi poate dov. indepl. MCAGA impuse in ult. 3 ani in
   orig./copie legaliz./copie lizibila certific. conform cu originalul
   semnata+stampilata. Info. priv. tertul sust. tehnic si profesional-in
   sit. in care ofertantul isi dem. cap. tehn. si profes. invocand si
   sust. acordata de catre o alta prs. fiz./jur. (cf. art. 190 OUG
   34/2006), at. el are oblig. de a dov. sust. de care beneficiaza prin
   compl. si prez. unui angajam. ferm al pers. resp., prin care confir. ca
   va pune la disp. ofertantului in speta, resur. tehn si profes.
   invocate. Pers. fiz./jur. care asig. sust. tehn. si profes. nu trebuie
   sa fie in sit. ce det. excl. din proc. cf. art. 180+art. 181 lit. a),
   c1) si d) si art. 69^1-OUG 34-se va compl Form.Angaj priv. sust. tehn.
   si profes. a ofert/candid./grupului de op. ec. insotit de Form.
   Experienta simil. si de copii lizibile conform cu originalul de pe
   certif/contr./orice alte doc. emise sau contrasemnate de o
   autoritate/clientul beneficiar din care sa reiasa executarea la niv.
   unui contr.max. 2 contr. de serv. similare obiectului procedurii.
   VI.4)Ci de atac
   VI.4.1)Organismul competent pentru cile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [8]office@cnsc.ro
   Telefon: +40 213104641
   Adres Internet: [9]http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / +40 218900745
   VI.4.2)Utilizarea cilor de atac
   Precizri privind termenele limit de exercitare a cilor de atac: Cf.
   art. 256^2 alin. 1  10 zile incepand cu data ulterioara luarii la
   cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat
   nelegal.
   VI.4.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   Societate Gospodarire Urbana SRL  Compartiment Achizitii  Licitati
   Strada Traian nr. 246
   800186 Galati
   ROMÂNIA
   E-mail: [10]sp_adpgalati@yahoo.com
   Telefon: +40 236477102
   Fax: +40 236477102
   VI.5)Data expedierii prezentului anun:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - IT-Rom
Versicherungen
Dokument Nr...: 26173-2016 (ID: 2016012609204164967)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  IT-Rom: Versicherungen
   2016/S 17/2016 26173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ministero della Difesa  Direzione generale di commissariato e di
   Servizi generali
   Piazza della Marina 4
   Zu Händen von: dott.sa Daniela prosperi
   00196 Roma
   ITALIEN
   Telefon: +39 0636803680
   E-Mail: [4]commiservizi@commiservizi.difesa.it
   Fax: +39 0636805643
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.commiservizi.difesa.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66510000
   Beschreibung
   Versicherungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 6 000 000 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
   Lungadige Cangrande 16
   37126 Verona
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 000 000 EUR
References
   4. mailto:commiservizi@commiservizi.difesa.it?subject=TED
   5. http://www.commiservizi.difesa.it/
OT: 26/01/2016    S17    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Negoziata
   senza indizione di gara
   Italia-Roma: Servizi assicurativi
   2016/S 017-026173
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Ministero della Difesa  Direzione generale di commissariato e di
   Servizi generali
   Piazza della Marina 4
   All'attenzione di: dott.sa Daniela prosperi
   00196 Roma
   ITALIA
   Telefono: +39 0636803680
   Posta elettronica: [6]commiservizi@commiservizi.difesa.it
   Fax: +39 0636805643
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]http://www.commiservizi.difesa.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
   uffici a livello locale o regionale
   I.3)Principali settori di attività
   Difesa
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Servizio assicurativo per il personale della Difesa impegnato in
   missioni «fuori area» Anno 2016.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi
   b) Servizi bancari e finanziari
   Codice NUTS ITZZZ
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Servizio di assicurazione del personale della Difesa impiegato in
   missione «Fuori Area» per l'anno 2016.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   66510000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 6 000 000 EUR
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Negoziata senza indizione di gara
   Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea (GUUE):
   Direttiva 2004/18/CE
   1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
   Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di
   lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose
   condizioni fissate dalla direttiva.
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2013/S 034-054006 del 16.2.2013
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   23.11.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
   Lungadige Cangrande 16
   37126 Verona
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 6 000 000 EUR
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 comma 5 lettera b) del
   D.Lgs. 163/06.
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR Lazio
   Via Flaminia 189
   00196 Roma
   ITALIA
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Buchprüfung - DE-Wiesbaden
Buchprüfung
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 26273-2016 (ID: 2016012609212865058)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  DE-Wiesbaden: Buchprüfung
   2016/S 17/2016 26273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hessisches Competence Center -Zentrale Beschaffung-
   Rheingaustraße 186
   Zu Händen von: Enzo Büttner
   65203 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 611/6939-0
   E-Mail: [6]beschaffung@hcc.hessen.de
   Fax: +49 611/6939-400
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe.hessen.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Wirtschaftsprüfung HIM GmbH, Altlastensanierung (ASG).
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 9: Rechnungslegung, Abschlussprüfung und
   Buchhaltung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
   Verbraucherschutz, Referat III 2 Finanzierung und fachbezogene
   Verwaltung; Altlasten, Badegewässer, Mainzer Straße 80, 65189
   Wiesbaden.
   NUTS-Code DE7
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Wirtschaftsprüfer für die jährliche finanztechnische und fachtechnische
   Prüfung der HIM GmbH  Bereich Altlastensanierung (ASG) für die Jahre
   2016 und 2017.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79212100, 71300000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Preis. Gewichtung 66
   2. Prüfungstiefe. Gewichtung 34
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   VG-A0437-2015-0211
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Wirtschaftsprüfung HIM GmbH,
   Altlastensanierung (ASG)
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   19.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
   Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
   Hanauer Landstr. 115
   60314 Frankfurt am Main
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [9]carola.hofmann@bdo.de
   Telefon: +49 6995941-400
   Fax: +49 6995941-159
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Wilhelminenstraße 1-3
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6151/126601
   Fax: +49 6151/125816
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Hessische Competence Center für neue Verwaltungssteuerung  Zentrale
   Beschaffung -
   Rheingaustraße 186
   65203 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]Beschaffung@hcc.hessen.de
   Telefon: +49 6116939709
   Fax: +49 6116939400
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   21.1.2016
References
   6. mailto:beschaffung@hcc.hessen.de?subject=TED
   7. http://www.vergabe.hessen.de/
   8. http://www.vergabe.hessen.de/
   9. mailto:carola.hofmann@bdo.de?subject=TED
  10. mailto:Beschaffung@hcc.hessen.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verwaltung von Datennetzen - NL-Eindhoven
Verwaltung von Datennetzen
Tischcomputer
Computeranlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 26373-2016 (ID: 2016012609230165179)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  NL-Eindhoven: Verwaltung von Datennetzen
   2016/S 17/2016 26373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Anculus namens Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
   212115437
   Pastoor Petersstraat 170 36
   Zu Händen von: Annemieke Lukassen
   5612 LW Eindhoven
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 402462357
   E-Mail: [4]aanbesteding@anculus.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.anculus.nl
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73436
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72315200, 30213300, 30200000
   Beschreibung
   Verwaltung von Datennetzen.
   Tischcomputer.
   Computeranlagen und Zubehör.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Odin Onderwijs BV h.o.d.n. Heutink ICT
   Expolaan 50
   7556 BE Hengelo
   NIEDERLANDE
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:aanbesteding@anculus.nl?subject=TED
   5. http://www.anculus.nl/
   6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73436
OT: 26/01/2016    S17    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   Nederland-Eindhoven: Beheer van gegevensnetwerk
   2016/S 017-026373
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Anculus namens Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
   212115437
   Pastoor Petersstraat 170 36
   Ter attentie van: Annemieke Lukassen
   5612 LW Eindhoven
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 402462357
   E-mail: [6]aanbesteding@anculus.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.anculus.nl
   Elektronische toegang tot informatie :
   [8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73436
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Onderwijs
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   Aanbesteding ICT op basis van Best Value Procurement.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Zeist.
   NUTS-code NL
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Netwerkbeheer en levering hardware voor de scholen van WereldKidz en
   het stafkantoor.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   72315200, 30213300, 30200000
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Criterium: inschrijfprijs. Weging 25
   2. Criterium: prestatie-onderbouwing. Weging 15
   3. Criterium: risicodossier. Weging 20
   4. Criterium: kansendossier . Weging 10
   5. Criterium: interviews . Weging 30
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   2014.035
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [9]2015/S 040-068773 van
   26.2.2015
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   Opdracht nr: 1 Titel: Aanbesteding ICT op basis van Best Value
   Procurement
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   1.7.2015
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Odin Onderwijs BV h.o.d.n. Heutink ICT
   Expolaan 50
   7556 BE Hengelo
   NEDERLAND
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Router für Netzwerke - IT-Rom
Router für Netzwerke
Dokument Nr...: 26473-2016 (ID: 2016012609244265275)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  IT-Rom: Router für Netzwerke
   2016/S 17/2016 26473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Banca d'Italia
   Via Nazionale 91
   00184 Roma
   ITALIEN
   E-Mail: [4]SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it
   Fax: +39 0647928426
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.bancaditalia.it
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.bancaditalia.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32413100
   Beschreibung
   Router für Netzwerke.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 229 945,04 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Telecom Italia SpA
   Via Gaetano Negri 1
   20123 Milano
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 229 945,04 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it?subject=TED
   5. http://www.bancaditalia.it/
   6. http://www.bancaditalia.it/
OT: 26/01/2016    S17    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Negoziata
   senza indizione di gara
   Italia-Roma: Router di rete
   2016/S 017-026473
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Banca d'Italia
   Via Nazionale 91
   00184 Roma
   ITALIA
   Posta elettronica: [6]SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it
   Fax: +39 0647928426
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]http://www.bancaditalia.it
   Indirizzo del profilo di committente: [8]http://www.bancaditalia.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Altro: ente pubblico non economico
   I.3)Principali settori di attività
   Altro: banca centrale
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Acquisizione per i servizi della rete geografica per il
   collegamentodelle dipendenze periferiche dell'Istituto (C013a/15).
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
   Codice NUTS ITE43
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Acquisizione per i servizi della rete geografica per il
   collegamentodelle dipendenze periferiche dell'Istituto (C013a/15).
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   32413100
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 1 229 945,04 EUR
   IVA esclusa
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Negoziata senza indizione di gara
   Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea (GUUE):
   Direttiva 2004/18/CE
   1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
   Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti
   dallamministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose
   condizioni fissate dalla direttiva.
   Sussistenza di un vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   C013a/15
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Avviso volontario per la trasparenza ex ante
   Numero dell'avviso nella GUUE: [9]2015/S 225-410283 del 20.11.2015
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   30.12.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 1
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Telecom Italia SpA
   Via Gaetano Negri 1
   20123 Milano
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 1 229 945,04 EUR
   IVA esclusa
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
   Roma
   ITALIA
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
   giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da
   quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di
   cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
   scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
   disposizioni di legge o di regolamento. Il contratto non conterrà le
   clausole compromissorie di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e
   s.m.i.
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Lokomotiven oder rollendes Material - LT-Wilna
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
Dokument Nr...: 26573-2016 (ID: 2016012609261965374)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  LT-Wilna: Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
   2016/S 17/2016 26573
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   AB Lietuvos geleinkeliai
   110053842
   Mindaugo g. 12
   Zu Händen von: Agn Stulginskien
   LT-03603 Vilnius
   LITAUEN
   Telefon: +370 52693467
   E-Mail: [4]a.stulginskiene@litrail.lt
   Fax: +370 52693005
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.litrail.lt
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34631000
   Beschreibung
   Teile für Lokomotiven oder rollendes Material.
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Guoliai ritininiai
   1)Kurze Beschreibung:
   Guoliai ritininiai.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34631000
   3)Menge oder Umfang:
   2 000 vnt.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Beginn 1.4.2016 Abschluss 23.11.2016
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin)
   1)Kurze Beschreibung:
   Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin).
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34631000
   3)Menge oder Umfang:
   44 200 vnt.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Beginn 1.4.2016 Abschluss 23.11.2016
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 27.2.2016 - 09:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 09:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Litauisch.
   Sonstige: Rus k.
References
   4. mailto:a.stulginskiene@litrail.lt?subject=TED
   5. http://www.litrail.lt/
   6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 26/01/2016    S17    - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
   Atviras konkursas
   Lietuva-Vilnius: Lokomotyv ir riedmen dalys
   2016/S 017-026573
   Skelbimas apie pirkim. Komunalins paslaugos
   Preks
   Direktyva 2004/17/EB
   I dalis: Perkantysis subjektas
   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
   AB Lietuvos geleinkeliai
   110053842
   Mindaugo g. 12
   Kam: Agn Stulginskien
   LT-03603 Vilnius
   LIETUVA
   Telefonas: +370 52693467
   El. patas: [6]a.stulginskiene@litrail.lt
   Faksas: +370 52693005
   Interneto adresas(-ai):
   Pagrindinis perkaniojo subjekto adresas: [7]http://www.litrail.lt
   Elektronin prieiga prie informacijos:
   [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
   teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   I.2)Pagrindin veikla
   Geleinkelio paslaugos
   I.3)Sutarties sudarymas kit perkanij subjekt vardu
   Perkantysis subjektas perka kit perkanij subjekt vardu: ne
   II dalis: Sutarties objektas
   II.1)Apraymas
   II.1.1)Pavadinimas, kur perkantysis subjektas suteik sutariai:
   MT-3-3 Prekini vagon ritinini guoli ir stabdi trinkeli pirkimas.
   II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
   teikimo vieta
   Preks
   Pirkimas
   Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
   Preks turi bti patiektos Radvilikio prekini vagon depui (Preki
   gavjas) Pukino g.1, Radvilikis.
   NUTS kodas
   II.1.3)Informacija apie viej sutart, preliminarj susitarim arba
   dinamin pirkimo sistem (DPS)
   Skelbimas susijs su vieja sutartimi
   II.1.4)Informacija apie preliminarj susitarim
   II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas:
   Prekini vagon ritinini guoli ir stabdi trinkeli pirkimas.
   II.1.6)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   34631000
   II.1.7)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
   Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
   II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
   i sutartis padalyta  dalis: taip
   Pasilymai gali bti teikiami dl vienos ar daugiau pirkimo dali
   II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasilymus
   Leidiama pateikti alternatyvius pasilymus: ne
   II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
   II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
   Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
   II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
   Pasirinkimo galimybs: ne
   II.2.3)Informacija apie pratsimus
   i sutartis gali bti pratsta: ne
   II.3)Sutarties trukm arba vykdymo terminas
   darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
   Informacija apie pirkimo dalis
   Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Guoliai ritininiai
   1)Trumpas apraymas:
   Guoliai ritininiai.
   2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   34631000
   3)Kiekis arba apimtis:
   2 000 vnt.
   4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
   dat
   darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
   Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Trinkel stabdi
   kompozicin (beasbestin)
   1)Trumpas apraymas:
   Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin).
   2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   34631000
   3)Kiekis arba apimtis:
   44 200 vnt.
   4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
   dat
   darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
   III dalis: Teisin, ekonomin, finansin ir technin informacija
   III.1)Su sutartimi susijusios slygos
   III.1.1)Reikalaujami ustatai ir garantijos:
   Sutarties vykdymas utikrinamas viena i Sutarties bendrosiose
   slygose nurodyt prievoli vykdymo utikrinimo bd  3 proc. nuo
   Sutarties kainos neskaitant PVM. Banko garantijos originalas arba
   mokjimo nurodym patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir
   banko darbuotojo parau) turi bti pateiktas Pirkjui/Pirkjo atstovui
   Vilnius, Mindaugo g. 12, 403 kab.
   III.1.2)Pagrindins finansavimo slygos ir atsiskaitymo tvarka bei
   (arba) nuorodos  atitinkamas jas reglamentuojanias nuostatas:
   Apmokjimas u patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasiraius
   perdavimoprimimo akt, pagal Tiekjo pateikt PVM sskait faktr
   (original), atitinkani Sutarties bendrosiose slygose nurodytus
   reikalavimus, mokjimo nurodymu  Tiekjo banko sskait, nurodyt
   ioje Sutartyje, per 45 kalendorines dienas po PVM sskaitos faktros
   ir Preki perdavimoprimimo akto gavimo dienos. Jei ie dokumentai
   pateikiami ne vienu metu  nuo dokumento pateikto vlesne data, gavimo
   dienos. PVM sskaitos faktros pateikimo terminas ne vliau kaip iki
   kito mnesio 6 kalendorins dienos po perdavimoprimimo akto
   pasiraymo.
   III.1.3)Teisin forma, kuri turi gyti kio subjekt grup, su kuria
   bus sudaryta sutartis:
   III.1.4)Kitos ypatingos slygos:
   Sutarties vykdymui taikomos ypatingos slygos: ne
   III.2)Dalyvavimo slygos
   III.2.1)Informacija apie asmenin kio subjekto padt, skaitant
   reikalavimus, susijusius su traukimu  profesinius ar prekybos
   registrus
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams: 1. Tiekjas (fizinis asmuo) arba Tiekjo (juridinio
   asmens) vadovas ar kins bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
   (turintys) teis juridinio asmens vardu sudaryti sandor, ir buhalteris
   (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
   teis surayti ir pasirayti Tiekjo apskaitos dokumentus, neturi
   teistumo (arba teistumas yra inyks ar panaikintas), dl Tiekjo
   (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
   siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u dalyvavim
   nusikalstamame susivienijime, jo organizavim ar vadovavim jam, u
   kyininkavim, tarpininko kyininkavim, papirkim, sukiavim,
   kredito, paskolos ar tikslins paramos panaudojim ne pagal paskirt ar
   nustatyt tvark, kreditin sukiavim, mokesi nesumokjim,
   neteising duomen apie pajamas, peln ar turt pateikim,
   deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim, nusikalstamu
   bdu gauto turto gijim ar realizavim, nusikalstamu bdu gyt pinig
   ar turto legalizavim. Dl Tiekjo i kitos valstybs nra priimtas ir
   siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u 31.3.2004 Europos
   Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dl vieojo darb, preki
   ir paslaug pirkimo sutari sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1
   dalyje ivardytuose Europos Sjungos teiss aktuose apibrtus
   nusikaltimus.
   Pateikiamas Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
   departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs mons
   Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
   iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
   institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies
   institucijos dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento kopija),
   iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau,
   taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym
   pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
   priimtinas.
   2. Tiekjas nra bankrutavs, likviduojamas, su kreditoriais sudars
   taikos sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos arba jo padtis
   pagal alies, kurioje jis registruotas, statymus nra tokia pati ar
   panai. Jam nra ikelta restruktrizavimo, bankroto byla arba nra
   vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nra inicijuotos
   priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedros arba
   jam nra vykdomos analogikos procedros pagal alies, kurioje jis
   registruotas, statymus.
   Pateikiama:
   1) Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
   Respublikoje, i jo nereikalaujama pateikti joki reikalavim rodani
   dokument. Perkanioji organizacija duomenis tikrina paskutin
   pasilym pateikimo termino dien, nurodyt skelbime apie pirkim.
   Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
   jis pateikia Valstybs mons Registr centro iduot ira ar ios
   mons Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka iduot
   dokument, patvirtinant jungtinius kompetenting institucij tvarkomus
   duomenis nurodytoms aplinkybms rodyti, arba teismo iduot ira i
   teismo sprendimo, jei toks yra.
   Kitos valstybs Tiekjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
   pateikia alies, kurioje yra registruotas Tiekjas, ar alies, i
   kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar vieojo administravimo
   institucijos iduot paym.
   Nurodytas dokumentas turi bti iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei
   dokumentas iduotas anksiau, taiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
   pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
   yra priimtinas.
   2) Tiekjo deklaracija (i konkurso slyg 2 priedas (a)),
   patvirtinanti, kad Tiekjas nra su kreditoriais sudars taikos
   sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos, arba atitinkamos
   usienio alies, kurioje Tiekjas yra registruotas, iduotas
   dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekjas nra su kreditoriais sudars
   taikos sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos, nra inicijuotos
   priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedros arba
   jo padtis pagal alies, kurioje jis registruotas, statymus nra tokia
   pati ar panai, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei
   atitinkamoje alyje neiduodamas mintas dokumentas arba jis neapima
   vis keliam klausim.
   (pateikiamos skaitmenins dokument kopijos).
   3.Tiekjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra inyks
   ar panaikintas), dl Tiekjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
   metus nebuvo priimtas ir siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis
   u nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinms teisms ir turtiniams
   interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
   tvarkai, finans sistemai, valstybs tarnybai ir vieiesiems
   interesams, iskyrus i konkurso slyg 14.1 punkte ivardytas veikas.
   Pateikiamas Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
   departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs mons
   Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
   iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
   institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies,
   kurioje Tiekjas yra registruotas, institucijos iduotas dokumentas
   (pateikiama skaitmenin dokumento kopija), iduotas ne anksiau kaip
   3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas
   galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks
   dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   4. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekjas, kuris yra
   *juridinis asmuo, dalyvis, turintis bals daugum juridinio asmens
   dalyvi susirinkime, neturi neinykusio ar nepanaikinto teistumo u
   nusikalstam bankrot.
   Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
   pateikiama Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
   departamento prie Vidaus reikal ministerijos, ar valstybs mons
   Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
   iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
   institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies,
   kurioje Tiekjas yra registruotas, institucijos iduotas dokumentas
   (pateikiama skaitmenin dokumento kopija), iduotas ne anksiau kaip
   3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas
   galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks
   dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   Kitos usienio valstybs tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia
   alies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybs
   institucijos iduot paym (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
   * Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
   Respublikoje arba kitoje usienio valstybje, pateikiama laisvos formos
   deklaracija, kurioje tiekjas nurodo duomenis apie turimus balsus
   juridinio asmens dalyvi susirinkime (pateikiama skaitmenin dokumento
   kopija).
   5. Tiekjas turi teis verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo
   sutariai vykdyti.
   Pateikiami Tiekjo (juridinio asmens) statai (nuostatai) ar kiti
   dokumentai, patvirtinantys Tiekjo teis verstis atitinkama veikla arba
   atitinkamos usienio alies institucijos (profesini ar veiklos
   tvarkytoj, valstybs galiot institucij paymos, kaip yra nustatyta
   toje valstybje, kurioje Tiekjas registruotas) iduotas dokumentas
   (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija,
   liudijanti Tiekjo teis verstis atitinkama veikla.
   Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijim ar individualios veiklos
   registravimo paym, arba atitinkam kompetentingos institucijos
   iduot paym, patvirtinani individualios veiklos registravim.
   (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
   6. Tiekjas nra padars rimto profesinio paeidimo, kur Perkanioji
   organizacija gali rodyti bet kokiomis teistomis priemonmis. iame
   punkte vartojama svoka rimtas profesinis paeidimas suprantama kaip
   profesins etikos paeidimas, kai nuo Tiekjo pripainimo nesilaikaniu
   profesins etikos norm momento prajo maiau kaip vieni metai, kaip
   konkurencijos, darbo, darbuotoj saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
   teiss akt paeidimas, u kur tiekjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
   paskirta administracin nuobauda, o tiekjui, kuris yra juridinis
   asmuo,  ekonomin sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
   statymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta i sankcija,
   siteisjimo dienos prajo maiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
   dalyvaujantis Tiekjas, kuris yra juridinis asmuo, paeid Lietuvos
   Respublikos konkurencijos statymo 5 straipsn, toks paeidimas pagal
    punkt laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
   Respublikos konkurencijos statyme nustatyt ekonomin sankcij
   siteisjimo dienos prajo maiau kaip 3 metai. Jeigu tiekjas, kuris
   yra fizinis asmuo, arba tiekjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis,
   turintis bals daugum juridinio asmens dalyvi susirinkime, yra
   pripaintas kaltu dl tyinio bankroto, kaip jis apibrtas Lietuvos
   Respublikos moni bankroto statyme, toks paeidimas pagal  punkt
   laikomas rimtu profesiniu paeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo
   siteisjimo dienos prajo maiau kaip 3 metai. Tiekjas, registruotas
   kitoje alyje, laikomas padars rimt profesin paeidim, u kur jam
   buvo paskirta tokia pati ar panai sankcija  t, kuri numatyta u
   tokio pobdio paeidimus Lietuvos Respublikoje.
   Pateikiama Tiekjo deklaracija (pateikiama skaitmenin deklaracijos
   kopija).
   7. Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su mokesi,
   skaitant socialinio draudimo mokas, mokjimu pagal alies, kurioje
   jis registruotas, ar alies, kurioje yra perkanioji organizacija,
   reikalavimus. Tiekjas laikomas vykdiusiu sipareigojimus, susijusius
   su mokesi, skaitant socialinio draudimo mokas, mokjimu, jeigu jo
   nevykdyt sipareigojim suma yra maesn kaip 50 EUR.
   1) Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su mokesi
   mokjimu, pateikiama: Valstybins mokesi inspekcijos iduotas
   dokumentas arba valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos
   Vyriausybs nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis
   jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis, jeigu Tiekjas
   yra registruotas usienio alyje  atitinkamos usienio alies
   institucijos dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento kopija),
   iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau,
   taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym
   pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
   priimtinas.
   2) Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su socialinio
   draudimo mok mokjimu, pateikiama:
   Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
   i jo nereikalaujama pateikti joki  reikalavim rodani dokument.
   Perkanioji organizacija tikrina paskutins pasilym pateikimo termino
   dienos, nurodytos skelbime apie pirkim, duomenis.
   Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
   pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorini
   skyri ir kit Valstybinio socialinio draudimo fondo staig, susijusi
   su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, iduot
   dokument, arba pateikia valstybs mons Registr centro Lietuvos
   Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka iduot dokument,
   patvirtinant jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis
   (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
   Kitos valstybs Tiekjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
   pateikia alies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybs
   institucijos iduot paym (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
   Nurodytas dokumentas turi bti iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei
   dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas galiojimo terminas
   ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
   laikotarpiu yra priimtinas.
   8. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, nra baustas u leidim dirbti
   nelegal darb arba Tiekjas, kuris yra juridinis asmuo, nra baustas
   u leidim dirbti nelegaliai treij ali pilieiams. Tiekjas yra
   laikomas baustu jeigu nuo administracins nuobaudos paskyrimo prajo
   maiau kaip 1 metai.
   Pateikiama Laisvos formos Tiekjo deklaracija, patvirtinanti, kad
   Tiekjas (fizinis asmuo) nra baustas u leidim dirbti nelegal darb
   arba Tiekjas (juridinis asmuo) nra baustas u leidim dirbti
   nelegaliai treij ali pilieiams (pateikiama skaitmenin
   deklaracijos kopija).
   9. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neinykusio ar
   nepanaikinto teistumo arba tiekjui, kuris yra juridinis asmuo, per
   pastaruosius 5 metus nra siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis
   u Lietuvos Respublikoje nelegaliai esani treij ali piliei
   darb.
   Pateikiamas Valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos
   Vyriausybs nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis
   jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis, jeigu Tiekjas
   yra registruotas usienio alyje  atitinkamos usienio alies
   institucijos iduotas dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento
   kopija), iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas
   anksiau, taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei
   pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
   yra priimtinas.
   III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajgumas
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams: Netaikoma.
   III.2.3)Techniniai pajgumai
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams: Netaikoma.
   III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
   III.3)Paslaug sutartims taikomos specialios slygos
   III.3.1)Informacija apie tam tikr profesij
   III.3.2)U paslaugos teikim atsakingi darbuotojai
   IV dalis: Procedra
   IV.1)Procedros tipas
   IV.1.1)Procedros tipas
   Atvira procedra
   IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
   IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
   Maiausia kaina
   IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
   Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
   IV.3)Administracin informacija
   IV.3.1)Perkaniojo subjekto priskirtas bylos numeris:
   IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
   ne
   IV.3.3)Specifikacij ir papildom dokument gavimo slygos (iskyrus
   DPS)
   Praym pateikti dokumentus primimo ar susipainimo su dokumentais
   terminas: 27.2.2016 - 09:00
   Dokumentai yra mokami: ne
   IV.3.4)Pasilym ar paraik dalyvauti pirkimo procedroje primimo
   terminas
   3.3.2016 - 09:00
   IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai ar
   paraikos dalyvauti pirkimo procedroje
   lietuvi kalba.
   Kita: Rus k.
   IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kur dalyvis privalo utikrinti
   pasilymo galiojim
   dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kuri priimami pasilymai)
   IV.3.7)Susipainimo su pasilymais slygos
   Data: 3.3.2016 - 9:00
   Vieta
   AB Lietuvos geleinkeliai patalpose, 217 kab., Mindaugo g. 12,
   Vilnius, Lietuvos Respublika.
   Asmenys, kuriems leidiama dalyvauti susipainimo su pasilymais
   procedroje: taip
   Susipainimo su pasilymais posdyje turi teis dalyvauti visi
   pasilymus pateik tiekjai arba j galioti atstovai, taip pat
   vieuosius pirkimus kontroliuojani institucij atstovai.
   VI dalis: Papildoma informacija
   VI.1)Informacija apie periodikum
   Tai periodikas vieasis pirkimas: ne
   VI.2)Informacija apie Europos Sjungos fondus
   Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
   Europos Sjungos fond lomis: ne
   VI.3)Papildoma informacija:
   Pirkimas vykdomas CVP IS priemonmis, pasiekiamomis adresu
   [10]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   VI.4)Skund pateikimo procedra
   VI.4.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
   VI.4.2)Skund pateikimas
   Tiksli informacija apie skund pateikimo termin(-us): Tiekjas,
   nordamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginyti perkaniosios
   organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenzij
   perkaniajai organizacijai Viej pirkim statymo V skyriuje
   nustatyta tvarka.
   VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
   VI.5)io skelbimo isiuntimo data:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks - IT-Mailand
Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
Dokument Nr...: 26673-2016 (ID: 2016012609280365481)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  IT-Mailand: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
   2016/S 17/2016 26673
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Azienda Trasporti Milanesi SpA
   Foro Buonaparte 61
   20121 Milano
   ITALIEN
   Telefon: +39 02480311
   E-Mail: [4]responsabileacquisti@atm.it
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.atm.it
   Weitere Auskünfte erteilen: Azienda Trasporti Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   Zu Händen von: Nicola Raucci
   20159 Milano
   ITALIEN
   Telefon: +39 0248038267
   E-Mail: [6]Nicola.Raucci@atm.it
   Fax: +39 026887778
   Internet-Adresse: [7]www.atm.it
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: Azienda Trasporti
   Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   Zu Händen von: Nicola Raucci
   20159 Milano
   ITALIEN
   Telefon: +39 0248038267
   E-Mail: [8]Nicola.Raucci@atm.it
   Fax: +39 026887778
   Internet-Adresse: [9]www.atm.it
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Azienda Trasporti
   Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   20159 Milano
   ITALIEN
   Fax: +39 026887778
   Internet-Adresse: [10]www.atm.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50111000
   Beschreibung
   Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 26.2.2016 - 13:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Italienisch.
References
   4. mailto:responsabileacquisti@atm.it?subject=TED
   5. http://www.atm.it/
   6. mailto:Nicola.Raucci@atm.it?subject=TED
   7. http://www.atm.it/
   8. mailto:Nicola.Raucci@atm.it?subject=TED
   9. http://www.atm.it/
  10. http://www.atm.it/
OT: 26/01/2016    S17    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
   Italia-Milano: Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di
   manutenzione
   2016/S 017-026673
   Avviso di gara  Settori speciali
   Servizi
   Direttiva 2004/17/CE
   Sezione I: Ente aggiudicatore
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Azienda Trasporti Milanesi SpA
   Foro Buonaparte 61
   20121 Milano
   ITALIA
   Telefono: +39 02480311
   Posta elettronica: [6]responsabileacquisti@atm.it
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: [7]http://www.atm.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti
   Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   All'attenzione di: Nicola Raucci
   20159 Milano
   ITALIA
   Telefono: +39 0248038267
   Posta elettronica: [8]Nicola.Raucci@atm.it
   Fax: +39 026887778
   Indirizzo internet: [9]www.atm.it
   Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
   documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
   presso: Azienda Trasporti Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   All'attenzione di: Nicola Raucci
   20159 Milano
   ITALIA
   Telefono: +39 0248038267
   Posta elettronica: [10]Nicola.Raucci@atm.it
   Fax: +39 026887778
   Indirizzo internet: [11]www.atm.it
   Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda
   Trasporti Milanesi SpA
   Viale Stelvio 2
   20159 Milano
   ITALIA
   Fax: +39 026887778
   Indirizzo internet: [12]www.atm.it
   I.2)Principali settori di attività
   Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
   I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
   L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
   Appalto 749  Revamping dei sistemi diagnostici della macchina Plasser
   & Theurer EM-60.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
   Codice NUTS ITC45
   II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
   sistema dinamico di acquisizione (SDA)
   L'avviso riguarda un appalto pubblico
   II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
   II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
   Revamping dei sistemi diagnostici della macchina Plasser & Theurer
   EM-60  CIG. 6561377B94.
   II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   50111000
   II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.1.8)Informazioni sui lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.1.9)Informazioni sulle varianti
   Ammissibilità di varianti: no
   II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
   II.2.1)Quantitativo o entità totale:
   Valore stimato, IVA esclusa: 1 210 000 EUR
   II.2.2)Opzioni
   Opzioni: no
   II.2.3)Informazioni sui rinnovi
   L'appalto è oggetto di rinnovo: no
   II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
   Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
   Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile
   all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA  Direzione Acquisti 
   Viale Stelvio 2  20159 Milano  Italia  Tel. 0248038267  Fax.
   026887778 oppure visionabile all'indirizzo [13]www.atm.it;
   III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   Autofinanziamento;
   III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
   operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
   III.1.4)Altre condizioni particolari:
   La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
   requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
   registro commerciale
   III.2.2)Capacità economica e finanziaria
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara»
   reperibile all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA  Direzione
   Acquisti  Viale Stelvio 2  20159 Milano  Italia  Tel. 0248038267 
   Fax. 026887778 oppure visionabile all'indirizzo [14]www.atm.it;
   III.2.3)Capacità tecnica
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara»
   reperibile all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA  Direzione
   Acquisti  Viale Stelvio 2  20159 Milano  Italia  Tel. 0248038267 
   Fax. 026887778 oppure visionabile all'indirizzo [15]www.atm.it;
   III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
   III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
   III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
   III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Procedura aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
   aggiudicatore:
   Appalto 749
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
   documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di
   acquisizione)
   Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
   ai documenti: 26.2.2016 - 13:00
   Documenti a pagamento: no
   IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
   partecipazione
   7.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
   domande di partecipazione
   italiano.
   IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
   propria offerta
   in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
   IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
   Data: 10.3.2016 - 14:30
   Luogo
   ATM SpA  Viale Stelvio 2  Milano.
   Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
   Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile
   all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA  Direzione Acquisti 
   Viale Stelvio 2  20159 Milano  Italia  Tel. 0248038267  Fax.
   026887778 oppure visionabile all'indirizzo [16]www.atm.it;
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sulla periodicità
   Si tratta di un appalto periodico: no
   VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.3)Informazioni complementari:
   Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo
   ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul
   bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
   [17]www.atm.it;
   VI.4)Procedure di ricorso
   VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR per la Lombardia  Sede di Milano  Ufficio Accettazione Ricorsi
   Via Corridoni 39
   20122 Milano
   ITALIA
   VI.4.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
   giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di
   cui all'art. 79 D. Lgs. 163/2006 o, per le clausole di gara
   immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta
   Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
   VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
   21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Diverse Nahrungsmittel - PL-Katowice
Diverse Nahrungsmittel
Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst
Gemüse
Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
Fleisch
Rind- und Kalbfleisch
Rindfleisch
Geflügel
Würste
Margarine
Trinkwasser
Dokument Nr...: 2673-2016 (ID: 2016010609061040056)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  PL-Katowice: Diverse Nahrungsmittel
   2016/S 3/2016 2673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 lskiego Uniwersytetu
   Medycznego Górnolskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
   ul. Zioowa 45/47
   Kontaktstelle(n): j.w.
   Zu Händen von: Anna Zawada
   40-635 Katowice
   POLEN
   Telefon: +48 323598952
   E-Mail: [4]azawada@gcm.pl
   Fax: +48 322029501
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.gcm.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15800000, 03200000, 03221000, 15100000, 15110000, 15111000, 15111100,
   15112000, 15131130, 15431100, 41110000
   Beschreibung
   Diverse Nahrungsmittel.
   Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst.
   Gemüse.
   Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse.
   Fleisch.
   Rind- und Kalbfleisch.
   Rindfleisch.
   Geflügel.
   Würste.
   Margarine.
   Trinkwasser.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 706 244,72 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Milko Hurtowe Centrum Nabiau mgr in. Wodzimierz Natkaniec
   ul. Dulby 5
   40-833 Katowice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 95 603,72 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Invest Michel
   Kobierne 44A
   05-311 Dbe Wielkie
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 550 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Zakady Misne Ham Cicho i Wspólnicy Spóka Jawna
   ul. Szybowa 7
   41-922 Radzionków
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 66 044 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   PPHU John Pawe John
   ul. ródlana 5
   64-140 Woaszkowice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 700 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Zakady Misne Wiesaw Leniak
   ul. Axentowicza 20A
   33-300 Nowy Scz
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 206 780 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Zakady Misne Wiesaw Leniak
   ul. Axentowicza 20A
   33-300 Nowy Scz
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 154 285 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Firma Handlowa Trokos Spóka Jawna Magorzata Trojaska Józef Trojaski
   ul. Krakowska 409
   32-420 Gdów
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 102 020 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Firma Handlowo-Usugowa Kaprys
   ul. Bytomska 86
   41-940 Piekary lskie
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 56 262 PLN
   ohne MwSt
References
   4. mailto:azawada@gcm.pl?subject=TED
   5. http://www.bip.gcm.pl/
OT: 06/01/2016    S3    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Katowice: Róne produkty spoywcze
   2016/S 003-002673
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 lskiego Uniwersytetu
   Medycznego Górnolskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
   ul. Zioowa 45/47
   Punkt kontaktowy: j.w.
   Osoba do kontaktów: Anna Zawada
   40-635 Katowice
   POLSKA
   Tel.: +48 323598952
   E-mail: [6]azawada@gcm.pl
   Faks: +48 322029501
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.gcm.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawea artykuów ywnociowych.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
   nr 7 lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnolskie
   Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, 40-635 Katowice-Ochojec, ul.
   Zioowa 45/47.
   Kod NUTS PL
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest:
   Dostawa artykuów ywnociowych
   Zad. 1  Dostawa wody sezonowa w okresie letnim;
   Zad. 2  Dostawa wody dla pacjentów;
   Zad. 3  Ciasta;
   Zad. 4  Jaja kurze;
   Zad. 5  Miso i wyroby wieprzowe;
   Zad. 6  Miso woowe;
   Zad. 7  Drób;
   Zad. 8  Wdliny;
   Zad. 9  Margaryna;
   Zad. 10  Warzywa i owoce sezonowe;
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawieraj zaczniki 2b i 4a,4b
   do SIWZ.
   3.3. W celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom
   okrelonym przez Zamawiajcego Wykonawca jest zobowizany zoy wraz z
   ofert:
   1 W odniesieniu do kadego zadania
   Ksiga jakoci (HACCP) lub w przypadku braku Ksigi  Kart
   Specyfikacji Surowca potwierdzajc wymagania Zamawiajcego dotyczce
   surowców sporzdzonego wg wzoru stanowicego  zacznik nr 4a lub
   Kart Specyfikacji Produktu  zacznik nr 4b
    w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem
   przez Wykonawc;
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te skada
   penomocnik tych Wykonawców;
   2 W odniesieniu do zadania nr 8
   Pisemny wykaz wasnego nazewnictwa wdlin sporzdzony przez Wykonawc
   wg wzoru stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ. Oprócz pozycji 2, 7, 9,
   10, 11 i 12 kada grupa wdlin powinna zawiera minimum dwie nazwy
   wasne;
    w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem
   przez Wykonawc;
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te skada
   penomocnik tych Wykonawców;
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   15800000, 03200000, 03221000, 15100000, 15110000, 15111000, 15111100,
   15112000, 15131130, 15431100, 41110000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 706 244,72 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 90
   2. Termin dostaw czstkowych. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   DZ/3321/180/15
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 143-263851 z dnia 28.7.2015
   Inne wczeniejsze publikacje
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 168-306131 z dnia 1.9.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 1 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych Zad. 1  Dostawa wody sezonowa w
   okresie letnim
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   16.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Milko Hurtowe Centrum Nabiau mgr in. Wodzimierz Natkaniec
   ul. Dulby 5
   40-833 Katowice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 95 603,72 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 4 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 4  Jaja kurze
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   9.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Invest Michel
   Kobierne 44A
   05-311 Dbe Wielkie
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 17 550 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 5 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 5  Miso i wyroby wieprzowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   12.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Zakady Misne Ham Cicho i Wspólnicy Spóka Jawna
   ul. Szybowa 7
   41-922 Radzionków
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 66 044 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 6 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 6  Miso woowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   17.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   PPHU John Pawe John
   ul. ródlana 5
   64-140 Woaszkowice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 7 700 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 7 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 7  Drób
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   17.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Zakady Misne Wiesaw Leniak
   ul. Axentowicza 20A
   33-300 Nowy Scz
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 206 780 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 8 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 8  Wdliny
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   17.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Zakady Misne Wiesaw Leniak
   ul. Axentowicza 20A
   33-300 Nowy Scz
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 154 285 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 9 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 9  Margaryna
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   19.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Firma Handlowa Trokos Spóka Jawna Magorzata Trojaska Józef Trojaski
   ul. Krakowska 409
   32-420 Gdów
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 102 020 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 10 - Nazwa:
   Dostawa artykuów ywnociowych zad. 10  Warzywa i owoce sezonowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   17.11.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Firma Handlowo-Usugowa Kaprys
   ul. Bytomska 86
   41-940 Piekary lskie
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 56 262 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   4. Termin wykonania zamówienia
   W odniesieniu do zadania nr 1 i 2 Wykonawca zobowizany jest wykonywa
   przedmiot zamówienia w okresie 36 miesicy na zasadach okrelonych w
   umowie. Maksymalny termin dostaw czstkowych: 2 dni od daty zoenia
   zamówienia czstkowego.
   W odniesieniu do zadania nr 3 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
   przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
   12.09.2015 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
   Zamawiajcego. Maksymalny termin dostaw czstkowych 24 godziny od daty
   zoenia zamówienia czstkowego.
   W odniesieniu do zadania nr 4 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
   przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
   11.12.2015 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
   Zamawiajcego.
   W odniesieniu do zadania nr 5, 6, 7, 8, 9 Wykonawca jest zobowizany
   wykonywa przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie
   wczeniej ni od 10.1.2016 poprzez realizacj zamówie czstkowych
   skadanych przez Zamawiajcego. Zamawiajcy wymaga, aby dostawa
   czstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie skadanego przez
   Zamawiajcego zamówienia (za porednictwem faxu lub telefonicznie),
   nastpowaa codziennie od poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do
   12:00. . Maksymalny termin dostaw czstkowych 24 godziny od daty
   zoenia zamówienia czstkowego.
   W odniesieniu do zadania nr 10 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
   przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
   27.1.2016 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
   Zamawiajcego. Zamawiajcy wymaga, aby dostawa czstkowa przedmiotu
   zamówienia, na podstawie skadanego przez Zamawiajcego zamówienia (za
   porednictwem faxu lub telefonicznie), nastpowaa codziennie od
   poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do 12:00. Maksymalny termin
   dostaw czstkowych 24 godziny od daty zoenia zamówienia czstkowego.
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Pouczenie o
   rodkach ochrony prawnej przysugujcych wykonawcy w toku postpowania
   o udzielenie zamówienia
   17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynnoci Zamawiajcego podjtej w
   postpowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnoci, do
   której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie Pzp, Wykonawca moe
   wnie odwoanie.
   17.2. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
   Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami Pzp,
   zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
   wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
   odwoania.
   17.3. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
   pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
   elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
   do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
   treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i Zamawiajcy móg
   zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu do jego
   wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed upywem
   terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w
   art. 27 ust. 2 Pzp.
   17.4. Odwoanie wnosi si w terminach okrelonych odpowiednio w art.
   182 ust. 14 Pzp.
   17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej stronom oraz uczestnikom
   postpowania odwoawczego przysuguje skarga do sdu.
   Skarg wnosi si do sdu okrgowego waciwego dla siedziby albo
   miejsca zamieszkania Zamawiajcego.
   Skarg wnosi si za porednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w
   terminie 7 dni od dnia dorczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoawczej,
   przesyajc jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zoenie
   skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
   jej wniesieniem.
   17.6. rodki ochrony prawnej s szczegóowo unormowane w art. 179198
   lit. g) Pzp.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste - NO-Sandeid
Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
Dokument Nr...: 26773-2016 (ID: 2016012609290965566)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
  NO-Sandeid: Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
   2016/S 17/2016 26773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Vindafjord kommune
   988893226
   Østbøvegen 2
   Zu Händen von: Willy Skulerud
   5585 Sandeid
   NORWEGEN
   Telefon: +47 53656112
   E-Mail: [4]willy.skulerud@vindafjord.kommune.no
   Fax: +47 53656566
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.vindafjord.kommune.no
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   98000000
   Beschreibung
   Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   2.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Sonstige: Norwegian.
References
   4. mailto:willy.skulerud@vindafjord.kommune.no?subject=TED
   5. http://www.vindafjord.kommune.no/
   6. https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
   7. https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
OT: 26/01/2016    S17    - - Services - Contract notice - Open procedure
   Norway-Sandeid: Other community, social and personal services
   2016/S 017-026773
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Vindafjord kommune
   988893226
   Østbøvegen 2
   For the attention of: Willy Skulerud
   5585 Sandeid
   NORWAY
   Telephone: +47 53656112
   E-mail: [6]willy.skulerud@vindafjord.kommune.no
   Fax: +47 53656566
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.vindafjord.kommune.no
   Address of the buyer profile:
   [8]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
   Electronic access to information:
   [9]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Framework agreement water, sewage and road consultancy services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Vindafjord.
   NUTS code NO043
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Information on framework agreement
   Framework agreement with several operators
   Number of participants to the framework agreement envisaged: 3
   Duration of the framework agreement
   Duration in months: 24
   Estimated total value of purchases for the entire duration of the
   framework agreement
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 1 000 000 and 4 000 000 NOK
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Consultancy services within water, sewage and roads.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   98000000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   A 2 year contract has been signed with 3 different consultancy
   companies.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 1 000 000 and 4 000 000 NOK
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: yes
   Number of possible renewals: 2
   In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
   timeframe for subsequent contracts:
   in months: 24 (from the award of the contract)
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: 024 (from the award of the contract)
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   See the tender documentation.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   See the tender documentation.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   See the tender documentation.
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions:
   yes
   Description of particular conditions: Provide material in New
   Norwegian.
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: See the tender documentation.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: See the tender documentation.
   Minimum level(s) of standards possibly required: Credit rating of B or
   better.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   See the tender documentation.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   Responsible applicant development class 2.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: yes
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   Lowest price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   16/6
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   2.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   Other: Norwegian.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   in days: 090 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 3.3.2016 - 0:00
   Place: Vindafjord kommune
   988893226
   Østbøvegen 2
   For the attention of: Willy Skulerud
   5585 Sandeid
   NORWAY
   Technical building
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   Vindafjord kommune
   988893226
   Østbøvegen 2
   5585 Sandeid
   NORWAY
   E-mail: [10]willy.skulerud@vindafjord.kommune
   Telephone: +47 53656112
   Fax: +47 53656565
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ten days.
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   23.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - CZ-Staré Msto
Bauarbeiten
Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
Pfade und andere ungeteerte Wege
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
Dokument Nr...: 26873-2016 (ID: 2016012709023065760)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  CZ-Staré Msto: Bauarbeiten
   2016/S 18/2016 26873
   Obec Staré Msto, 00576051, Staré Msto 66, Staré Msto 792 01,
   TSCHECHISCHE REPUBLIK. E-Mail: suhejova@iwwal.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 8.1.2016, [1]2016/S
   005-004580)
   Betr.:
   CPV:45000000, 45213316, 45233160, 90400000, 45213300
   Bauarbeiten
   Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
   Pfade und andere ungeteerte Wege
   Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
   Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
   Anstatt:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   1.2.2016 (14:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   1.2.2016 (14:00)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   24.2.2016 (14:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   24.2.2016 (14:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004580-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 27/01/2016    S18    - - Stavební práce - Dodatené informace -
   Otevené ízení
   eská republika-Staré Msto: Stavební práce
   2016/S 018-026873
   Obec Staré Msto, 00576051, Staré Msto 66, Staré Msto 792 01, ESKÁ
   REPUBLIKA. E-mail: suhejova@iwwal.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 8.1.2016, [1]2016/S
   005-004580)
   Pedmt:
   CPV:45000000, 45213316, 45233160, 90400000, 45213300
   Stavební práce
   Stavební úpravy chodník
   Chodníky a jiné zpevnné povrchy
   Kanalizace
   Stavby slouící doprav
   Namísto:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   1.2.2016 (14:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   1.2.2016 (14:00)
   tte:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   24.2.2016 (14:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   24.2.2016 (14:00)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Architekturentwurf - BG-Karlovo
Architekturentwurf
Bauarbeiten
Abdichtungs- und Dämmarbeiten
Urheberrechtsberatung
Dokument Nr...: 26973-2016 (ID: 2016012709033765852)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  BG-Karlovo: Architekturentwurf
   2016/S 18/2016 26973
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Obshtina Karlovo
   ul. Petko Sabev No. 1
   Kontaktstelle(n): Obshtina Karlovo
   Zu Händen von: Yordanka Kostadinova
   4300 Karlovo
   BULGARIEN
   Telefon: +359 33554586
   Fax: +359 33554581
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.karlovo.bg
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%
   80%D0%B8/118
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71220000, 45000000, 45320000, 79121000
   Beschreibung
   Architekturentwurf.
   Bauarbeiten.
   Abdichtungs- und Dämmarbeiten.
   Urheberrechtsberatung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 7.3.2016 - 17:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 17:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Bulgarisch.
References
   4. http://www.karlovo.bg/
   5. http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/118
OT: 27/01/2016    S18    - -  -    - 
   
   -:  
   2016/S 018-026973
     
   
    2004/18/
    :  
   I.1),   /  
    
   000471365
   .    1
   /  :  
     :  
   4300 
   
   : +359 33554586
      : [6]ykostadinova@karlovo.bg
   : +359 33554581
    /:
        : [7]www.karlovo.bg
       :
   [8]http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%
   80%D0%B8/118
         : /
   /  
       (  
         )   
    : / /  
            :
   / /  
   I.2)   
      
   I.3) 
     
   I.4)        
            :
   
    :   
   II.1)
   II.1.1)  ,    :
          
    ,      
   ,   ,     .
   II.1.2)        , 
          
   
     
          ,  
         :  .
    NUTS BG421
   II.1.3)   ,  
        ()
      
   II.1.4)   
   II.1.5)     /
            
        ,  
           ,
       :    1: 
    ,    :  , . , .
      45,    36498.503.2414.1    .
   ;    2:   , 
     :  , . , .   28, 
     36498.504.1715.1    . ; 
     3:   ,    : 
   , . ,  , . 16,   I-
    . 7    . ;    4:
     ,    :  , .
   , .    19-21-23   I-  . 7
      .  (     3 : .
      19, . ,  ; .    21,
   . ,  ; .    23, . , 
   );    5:   , 
     :  , . , .    94, 
     36498.503.2819.1    . ; 
     6:   ,    : 
   , . , .   1,   
   36498.504.3071.1    . ;    7:
     ,    :  , .
   , .   28   I-  . 7  
    . .
   II.1.6)O   (CPV)
   71220000, 45000000, 45320000, 79121000
   II.1.7)      (GPA)
   II.1.8) 
         : 
            
   II.1.9)  
      : 
   II.2)    
   II.2.1)    :
            
        ,  
           ,
       :    1: 
    ,    :  , . , .
      45,    36498.503.2414.1    .
   ;    2:   , 
     :  , . , .   28, 
     36498.504.1715.1    . ; 
     3:   ,    : 
   , . ,  , . 16,   I-
    . 7    . ;    4:
     ,    :  , .
   , .    19-21-23   I-  . 7
      .  (     3 : .
      19, . ,  ; .    21,
   . ,  ; .    23, . , 
   );    5:   , 
     :  , . , .    94, 
     36498.503.2819.1    . ; 
     6:   ,    : 
   , . , .   1,   
   36498.504.3071.1    . ;    7:
     ,    :  , .
   , .   28   I-  . 7  
    . .
    ,      : 5 725 304,18 BGN
   II.2.2)  
   : 
   II.2.3)  
       : 
   II.3)       
    : 90 (      )
      
     : 1    : 
    ,    :  , . , .
      45,    36498.503.2414.1    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   , .    45,    36498.503.2414.1
      . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          2 733,60 . .
    ,      : 536 400,81 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 2    : 
    ,    :  , . , .
     28,    36498.504.1715.1    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   , .   28,    36498.504.1715.1
      . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          5 955,96 . .
    ,      : 899 508,07 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 3    : 
    ,    :  , . ,
    , . 16,   I-  . 7    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   ,  , . 16,   I-  . 7 
     . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          2 759,91 . .
    ,      : 573 044,64 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 4    : 
    ,    :  , . , .
      19-21-23   I-  . 7   
   . 
   1) 
     ,    :  , .
   , .    19-21-23   I-  . 7
      . .  ,     - 
       ,   
         - , 
   :  : . , .    19   
   2    28     .  
     2 364,82 . .;  : . , .    21
      2    28    
   .     2 364,82 . .;  : . 
   .    23    2    28
       .     2 364,82
   . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          7 094,46 . . 
      ,  :  : . , .
      19    2    28 
      .     2 364,82 . .;
    : . , .    21    2 
     28     .   
    2 364,82 . .;  : .  .    23 
     2    28    
   .     2 364,82 . .
    ,      : 1 190 989,65 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 5    : 
    ,    :  , . , .
      94,    36498.503.2819.1    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   , .    94,    36498.503.2819.1 
     . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          4 322,64 . .
    ,      : 756 424,52 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 6    : 
    ,    :  , . , .
     1,    36498.504.3071.1    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   , .   1,    36498.504.3071.1 
     . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          5 263,80 . .
    ,      : 869 178,93 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
     : 7    : 
    ,    :  , . , .
     28   I-  . 7    .
   
   1) 
     ,    :  , .
   , .   28   I-  . 7  
    . .
   2)O   (CPV)
   45000000
   3)  
          4 718,93 . .
    ,      : 899 757,56 BGN
   4)        
    /
    : 90 (      )
   5)    
    : , ,    
   III.1)    
   III.1.1)   :
       1  5 300 BGN  ;     2
    8 900 BGN  ;     3  5 700 BGN  ; 
      4  11 900 BGN  ;     5 
   7 500 BGN  ;     6  8 600 BGN  ; 
      7  8 900 BGN  .    
            ,
    . 60  .         
             IBAN
   BG54FINV91503316025343; BIC FINVBGSF     .
            - 
       .      
     . 62  .        
    3 % / /       .
            
   - 1 ()         
    .         
         ,  
      .      
            
      .
   III.1.2)       / 
    ,   :
             
   ,     .
   III.1.3) ,       
   ,     :
         , 
   ,        /
    .      
       ,    , 
            
   .
   III.1.4)  
           : 
   III.2)  
   III.2.1)    , 
           
   
     ,       
    :       
   ,     ,   ,
       , ,   
       .      
        : 1.   1  
     ,       ,
       , ,  
      ; 2.   2  
       ,     
       ,    
   ; 3.   3    ,    
            
     .       
       ,    
     . 47, . 1, . 1 (  ), . 2, 3  4,
   . 2, . 1, 2, 2, 4  . 5  . 5  .
   III.2.2)   
     ,       
    :  .
    / /:  .
   III.2.3) 
     ,       
    :
   1.        
      ()      
             
    ,         
     ; 2.   ,
      5 ,      
   ,         
    ; 3.  ,    
      (  ),     
   ,      ; 4. 
   ,     - 
   //        ; 5. 
   ,       
    //; 6.      
       ISO 9001:2008  , 
    ISO 14001:2004        
     OHSAS 18001:2007  ; 7.   
          
       . 171  ,  
        ,   
    ,        
     ,         
     .
    / /:
   1.           
       III     
          ,    
           
   ( )    . 49, . 1  ; 2. ,
     ,       5
   () ,         2 () 
   ,         
    . *       
           
     1        1  ; 3.
           
   ,     : -
      ,       
    : )      
           
    //; -     
   : )      
           
    //; -         
      ,       : ) 
           
         //; -
       ,  
           
   ; -       ,    
     :)    
            
     //; -   
     -,     
    : )    
            
     //; -    
      ,      
   : )    ()   
     ; -       ,
         : )  
           
        //; -  
            ,  
       : )   
           
       //; 4. - 
   /       
    5 .  1 .; -    5 .; - 
     2 .;       1 .; - 
     2 .; 5.     1 .;     200
   ..; -    2 000 ²;     5 .; 
      2 .; 6.    
      ; 7.     
    .
   III.2.4)   
   III.3)     
   III.3.1)   
   III.3.2),      
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.1.2)    ,     
       
   IV.1.3)         
   
   IV.2)  
   IV.2.1)  
    -      - 
   1.  .  40
   2.    .  20
   3.  .  20
   4.  .  20
   IV.2.2)   
       : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,    :
   IV.3.2)    
   
   IV.3.3)       
      
              :
   7.3.2016 - 17:00
    : 
   IV.3.4)         
   7.3.2016 - 17:00
   IV.3.5)          
      
   IV.3.6)/,  /      
     
    .
   IV.3.7) ,       
    : 180 ( ,        
   )
   IV.3.8)    
   : 8.3.2016 - 11:00
   :
   . , .    1,  .
   ,         :
   
          
   :   . 68, . 3  .
    V:  
   VI.1)   
        : 
   VI.2)     
         / , / 
      : 
   VI.3) 
             
     [9]www.karlovo.bg     
          
         [10]www.karlovo.bg ,
             
   [11]www.karlovo.bg      
      .
   VI.4)  
   VI.4.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [12]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [13]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.4.2)  
   VI.4.3),        
     
       
   .   18
   1000 
   
      : [14]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [15]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.5)     :
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Fußgängerbrücken - BE-Antwerpen
Bau von Fußgängerbrücken
Bauarbeiten für Stahlbrücken
Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
Dokument Nr...: 27073-2016 (ID: 2016012709042865960)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  BE-Antwerpen: Bau von Fußgängerbrücken
   2016/S 18/2016 27073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Afdeling Zeeschelde
   Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
   Zu Händen von: ir. Hans De Preter
   2018 Antwerpen
   BELGIEN
   Telefon: +32 32246706
   E-Mail: [4]hans.depreter@wenz.be
   Fax: +32 32246725
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.wenz.be
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =225108
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
   tUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45221113, 45221115, 45111000, 45112000, 45233000
   Beschreibung
   Bau von Fußgängerbrücken.
   Bauarbeiten für Stahlbrücken.
   Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung.
   Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
   Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für
   Fernstraßen und Straßen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 794 887,94 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   THV BAM Contractors  Aelterman
   Antoon Van Osslaan 1, bus 2
   1120 Brussel
   BELGIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 794 887,94 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:hans.depreter@wenz.be?subject=TED
   5. http://www.wenz.be/
   6. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=225108
   7. https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&langua
ge=nl
OT: 27/01/2016    S18    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   België-Antwerpen: Bouwen van voetgangersbrug
   2016/S 018-027073
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Werken
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Afdeling Zeeschelde
   Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
   Ter attentie van: ir. Hans De Preter
   2018 Antwerpen
   BELGIË
   Telefoon: +32 32246706
   E-mail: [6]hans.depreter@wenz.be
   Fax: +32 32246725
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]www.wenz.be
   Adres van het kopersprofiel:
   [8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =225108
   Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
   [9]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
   tUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Publiekrechtelijke instelling
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   Boven-Zeeschelde te Wetteren Bouw van een nieuwe fietsers- en
   voetgangersbrug.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Werken
   NUTS-code BE2
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Boven-Zeeschelde te Wetteren. Bouw van een nieuwe fietsers- en
   voetgangersbrug.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   45221113, 45221115, 45111000, 45112000, 45233000
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Waarde: 4 794 887,94 EUR
   Zonder btw
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Laagste prijs
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   AZS-16EI/15/52-F03
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [10]2015/S 227-412409 van
   24.11.2015
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   22.12.2015
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   THV BAM Contractors  Aelterman
   Antoon Van Osslaan 1, bus 2
   1120 Brussel
   BELGIË
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   Totale definitieve waarde van de opdracht:
   Waarde: 4 794 887,94 EUR
   Zonder btw
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Medizinische Verbrauchsartikel - PL-Krakau
Medizinische Verbrauchsartikel
Dokument Nr...: 27173-2016 (ID: 2016012709053266067)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  PL-Krakau: Medizinische Verbrauchsartikel
   2016/S 18/2016 27173
   Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, Szpital
   Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika
   19, 31-501 Kraków, Kraków 31-501, POLEN. Telefon: +48 124247046. Fax:
   +48 124247120. E-Mail: lsendo@su.krakow.pl
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.12.2015, [1]2015/S
   233-423186)
   Betr.:
   CPV:33140000
   Medizinische Verbrauchsartikel
   Anstatt:
   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego:
   29.1.2016 (12:00)
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   29.1.2016 (12:00)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   29.1.2016 (12:15)
   muss es heißen:
   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego:
   3.2.2016 (12:00)
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   3.2.2016 (12:00)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   3.2.2016 (12:25)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423186-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 27/01/2016    S18    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Kraków: Materiay medyczne
   2016/S 018-027173
   Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, Szpital
   Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika
   19, 31-501 Kraków, Kraków 31-501, POLSKA. Tel.: +48 124247046. Faks:
   +48 124247120. E-mail: lsendo@su.krakow.pl
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 2.12.2015,
   [1]2015/S 233-423186)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:33140000
   Materiay medyczne
   Zamiast:
   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego:
   29.1.2016 (12:00)
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   29.1.2016 (12:00)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   29.1.2016 (12:15)
   Powinno by:
   IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego:
   3.2.2016 (12:00)
   IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   3.2.2016 (12:00)
   IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   3.2.2016 (12:25)
   Inne dodatkowe informacje
   Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
   przetargowej.
   Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen - FI-Tampere
Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Installation von labortechnischen Anlagen
Reparatur- und Wartungsdienste
Dokument Nr...: 27273-2016 (ID: 2016012709070266172)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  FI-Tampere: Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen
   2016/S 18/2016 27273
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Tampereen yliopisto
   Kalevantie 4
   FI-33014 Tampere
   FINNLAND
   Weitere Auskünfte erteilen: Hansel Oy
   FINNLAND
   E-Mail: [4]kilpailutus@hansel.fi
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Hansel Oy
   PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A
   FI-00101 Helsinki
   FINNLAND
   Telefon: +358 294444200
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   42921100, 39000000, 51430000, 50000000
   Beschreibung
   Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen
   Behältnissen.
   Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen
   Beleuchtung) und Reinigungsmittel.
   Installation von labortechnischen Anlagen.
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   16.2.2016 - 16:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Finnisch.
References
   4. mailto:kilpailutus@hansel.fi?subject=TED
OT: 27/01/2016    S18    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely
   Suomi-Tampere: Pullojen tai muiden astioiden puhdistus- tai
   kuivauskoneet
   2016/S 018-027273
   Hankintailmoitus
   Tavarahankinnat
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Tampereen yliopisto
   Kalevantie 4
   FI-33014 Tampere
   SUOMI
   Osoite, josta saa lisätietoja: Hansel Oy
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [6]kilpailutus@hansel.fi
   Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
   Hansel Oy
   PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A
   FI-00101 Helsinki
   SUOMI
   Puhelin: +358 294444200
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Julkisoikeudellinen laitos
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   Koulutus
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
   puolesta: ei
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   PAK 9 Pesukoneet.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Tavarahankinnat
   Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tampere.
   NUTS-koodi FI1
   II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
   dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
   II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
   II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Hankinnan kohteena ovat laboratoriovälineiden pesukoneet, pesutelineet
   sekä siirtovaunu isoon pesukoneeseen.
   Isoja laboratoriovälineiden pesukoneita tullaan hankkimaan kaksi
   kappaletta ja pieniä laboratoriovälineiden pesukoneita kolme
   kappaletta. Tämän lisäksi isoihin pesukoneisiin hankitaan yhteensä
   kuusi kappaletta pesutelineitä ja yksi siirtovaunu.
   Laboratoriovälineiden pesukoneiden tulee olla läpiantomallisia,
   sähkökäyttöisiä, sisältää automaattisen laboratoriovälineiden pesu- ja
   desinfiointiautomatiikan varustettuna kuivauksella.
   Hankinta sisältää edellä mainitut laitteet, niiden toimituksen ja
   asennuksen, käyttö- ja huoltokoulutuksen sekä määräaikais- ja
   korjaushuoltopalvelut.
   II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   42921100, 39000000, 51430000, 50000000
   II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
   (GPA): kyllä
   II.1.8)Osat
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
   Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
   II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
   II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
   II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: ei
   II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
   II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
   tiedot
   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
   III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
   koskeviin määräyksiin:
   III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
   ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
   III.1.4)Muut erityisehdot
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
   ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Ammatti- ja elinkeinorekisterimerkintä
   Vaatimus
   Tarjoaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- tai
   elinkeinorekisteriin, jos tarjoaja on sijoittautumismaansa
   lainsäädännön mukaan velvollinen rekisteröitymään kyseisiin
   rekistereihin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee
   ryhmittymän kaikkia jäseniä.
   Selvitys
   Tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä rekisteröitymistä koskevan vaatimuksen
   ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan selvityksen rekisterimerkinnöistä.
   III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä: Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen sekä
   hankintalain poissulkemisperusteet
   Vaatimus
   Tarjoaja on täyttänyt verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamista
   koskevat velvoitteet viimeistään tarjousajan päättymishetkellä.
   Tarjoajaa ei koske hankintalain 53 §:n mukainen poissulkemisperuste.
   Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia
   ryhmittymän jäseniä. Vaatimuksena lisäksi on, että tarjousta tehtäessä
   on huomioitu hankintalain 50 §:n mukaisesti verotukseen,
   ympäristönsuojeluun ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvät
   velvoitteet.
   Selvitys
   Tarjoaja, vakuuttaa, että:
   1) se on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittautumismaansa
   lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen
   lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on
   Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja
   taikka, jos tarjoajalla on verovelkaa tai maksamattomia
   sosiaaliturvamaksuja, tarjoaja on liittänyt tämän vakuutuksen
   liitteeksi selvityksen verovelasta ja/tai maksamattomista
   sosiaaliturvamaksuista sekä maksusuunnitelmasta.
   2) tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai
   valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu hankintalain 53 §:n
   mukaisesta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta.
   3) tarjousta laadittaessa on otettu huomioon verotusta,
   ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat
   lakisääteiset velvoitteet.
   Tarjouskilpailun voittajan on ennen hankintasopimuksen tekemistä
   esitettävä edellä kohtaan 1 liittyvät todistukset, jotka
   tarjouslomakkeessa annettu vakuutus korvaa. Tarjouskilpailun voittajan
   on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittaessa esitettävä kohtaan 2
   liittyvä todistus.
   Vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky ja maksukyky
   Vaatimus
   Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky
   sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen.
   Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on
   Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin riskiluokituksessa tarjousajan
   päättyessä 1-4. Jos tarjoajan tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n
   rekisterissä, tarjoajan tilanne arvioidaan pyydettäessä toimitettavien
   tilinpäätöstietojen ja/tai muun vastaavan selvityksen perusteella. Jos
   tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee ryhmittymän kaikkia
   jäseniä.
   Tarjoajat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n
   riskiluokituksessa on tarjousajan päättyessä 5 tai joiden
   vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn sekä maksukyvyn arvioidaan
   vastaavan riskiluokkaa 5, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.
   Tarjoajat, joiden riskiluokitus on tarjousajan päättyessä 4, voidaan
   sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään
   luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt
   luottokelpoisuuden parantamiseksi.
   Selvitys
   Hansel Oy selvittää Suomen Asiakastieto Oy:ltä tarjoajan Riskimittarin
   riskiluokituksen ja käyttää sitä tarjoajan vakavaraisuuden,
   taloudellisen kantokyvyn ja maksukykyisyyden arvioinnissa. Tarjoaja
   sitoutuu toimittamaan hankintayksiölle erillisestä pyynnöstä
   tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä muut
   tilinpäätösasiakirjat, jos ne on julkaistava tarjoajan
   sijoittumismaassa. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan yllä mainitut
   asiakirjat myös, jos tarjoajan riskiluokkaa ei ole saatavilla Suomen
   Asiakastieto Oy:n rekistereistä.
   Vastuuvakuutus
   Vaatimus
   Tarjoajalla on sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevaa toimintaa
   koskeva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 400 000 EUR.
   Selvitys
   Tarjoaja täyttää vastuuvakuutusta koskevan vaatimuksen ja toimittaa
   pyynnöstä selvityksen.
   III.2.3)Tekninen suorituskyky
   Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
   täyttymistä:
   Alihankkijat
   Vaatimus
   Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen
   alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa. Tarjoaja sitoutuu
   tarjouspyynnön liitteenä 2 olevissa sopimusehdoissa määriteltyyn
   vastuuseen alihankkijoidensa toiminnasta. Tarjouksessa ilmoitetut
   alihankkijat tullaan nimeämään sopimuksessa. Alihankkijoiden
   muuttaminen ja vaihtaminen on vain rajoitetusti mahdollista.
   Selvitys
   Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen selvitys mahdollisten
   alihankkijoiden käyttämisestä.
   Selvityksessä tulee kuvata merkittävimmät alihankkijat, jotka
   osallistuvat suoraan hankinnan kohteena oleviin laitteisiin liittyvien
   palveluiden (esim. kuljetus- ja asennuspalvelut) tuottamiseen.
   Alihankkijoista tulee ilmoittaa seuraavat tiedot tarjouspyynnön
   liitteenä 5 olevalla lomakkeella:
    yrityksen nimi,
    y-tunnus,
    yhteyshenkilö,
    yhteyshenkilön puhelinnumero,
    yhteyshenkilön sähköposti,
    miten ja kuinka laajasti alihankkija osallistuu hankinnan kohteena
   olevien tavaroiden tuottamiseen ja toimittamiseen,
    lisätiedot.
   Tarjoajan kokemus laboratorion tai terveydenhuollon välinehuollossa
   käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden asentamisesta
   Vaatimus
   Tarjoajalla on kokemusta laboratorion tai terveydenhuollon
   välinehuollossa käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden
   asentamisesta viimeisen kolmen vuoden ajalta.
   Vähimmäisvaatimuksena on, että tarjoajalla on vähintään kaksi
   referenssiä, joista kumpikin täyttää seuraavat vaatimukset:
   1. Toimitus on sisältänyt vähintään yhden laitteen toimituksen ja sen
   asennuksen
   2. Asennettavista laitteista vähintään toinen on ollut kooltaan
   tarjouspyynnön liitteessä 1 kuvatun pienen pesukoneen kokoluokkaa
   3. Toimitus on valmistunut 3.2013  2.2016 välisenä aikana.
   Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenet voivat täyttää
   vaatimuksen yhdessä. Jos tarjoaja vetoaa tämän vaatimuksen
   täyttämiseksi muiden yritysten osaamiseen ja kokemukseen, nämä
   yritykset on nimettävä tarjouksessa alihankkijoiksi ja näiden yritysten
   on tosiasiallisesti osallistuttava tuotteiden toimittamiseen/palvelun
   tuottamiseen. Tällöin tarjoaja alihankkijoineen voi täyttää vaatimuksen
   yhdessä.
   Selvitys
   Tarjoajalla on vaadittu kokemus laboratorion tai terveydenhuollon
   välinehuollossa käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden
   asentamisesta. Tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot referensseistä.
   III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
   III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
   lukumäärää koskevat rajoitukset
   IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   Alhaisin hinta
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Ennakkotietoilmoitus
   Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [7]2015/S 211-382376 , 30.10.2015
   IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
   saantia koskevat ehdot
   IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
   16.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
   valituille ehdokkaille
   IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
   osallistumispyynnöt voidaan laatia
   suomi.
   IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
   asti: 30.6.2016
   IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
   Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
   ei
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
   VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.3)Lisätiedot
   Tarjouspyyntöasiakirjat voi pyytää sähköisesti osoitteesta
   [8]kilpailutus@hansel.fi otsikolla ''Tampereen yliopisto, PAK 9
   Pesukoneet, tarjouspyyntöaineisto".
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   FI-00520 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.4.2)Muutoksenhaku
   VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe - LT-Wilna
Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
Gewebe
Gummi- und Plastikstoffe
Dokument Nr...: 273-2016 (ID: 2016010209274437557)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  LT-Wilna: Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
   2016/S 1/2016 273
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
   centras
   302496128
   Savanori pr. 231
   Zu Händen von: Danguol Darakeviien
   LT-02300 Vilnius
   LITAUEN
   Telefon: +370 52649361
   E-Mail: [4]danguole.daraskeviciene@ftmc.lt
   Fax: +370 52649774
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http:/www.ftmc.lt
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [5]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Weitere Auskünfte erteilen: Valstybinis mokslini tyrim institutas
   Fizini ir technologijos moksl centras
   302496128
   Demokrat g. 53
   Zu Händen von: Laima Lenkauskait
   LT-48485 Kaunas
   LITAUEN
   Telefon: +370 37308666
   E-Mail: [7]ti@ftmc.lt
   Fax: +370 37308668
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir
   technologijos moksl centras
   302496128
   Demokrat g. 53
   Zu Händen von: Laima Lenkauskait
   LT-48485 Kaunas
   LITAUEN
   Telefon: +370 37308666
   Fax: +370 37308668
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   19000000, 19210000, 19500000
   Beschreibung
   Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe.
   Gewebe.
   Gummi- und Plastikstoffe.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 8.2.2016 - 14:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Litauisch. Englisch.
References
   4. mailto:danguole.daraskeviciene@ftmc.lt?subject=TED
   5. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   7. mailto:ti@ftmc.lt?subject=TED
OT: 02/01/2016    S1    - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
   Atviras konkursas
   Lietuva-Vilnius: Odos ir tekstils gaminiai, plastiko ir gumos
   reikmenys
   2016/S 001-000273
   Skelbimas apie pirkim
   Preks
   Direktyva 2004/18/EB
   I dalis: Perkanioji organizacija
   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
   Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
   centras
   302496128
   Savanori pr. 231
   Kam: Danguol Darakeviien
   LT-02300 Vilnius
   LIETUVA
   Telefonas: +370 52649361
   El. patas: [6]danguole.daraskeviciene@ftmc.lt
   Faksas: +370 52649774
   Interneto adresas(-ai):
   Pagrindinis perkaniosios organizacijos adresas: http:/www.ftmc.lt
   Elektronin prieiga prie informacijos:
   [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
   teikimas: [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Daugiau informacijos galima gauti i: Valstybinis mokslini tyrim
   institutas Fizini ir technologijos moksl centras
   302496128
   Demokrat g. 53
   Kam: Laima Lenkauskait
   LT-48485 Kaunas
   LIETUVA
   Telefonas: +370 37308666
   El. patas: [9]ti@ftmc.lt
   Faksas: +370 37308668
   Specifikacijas ir papildomus dokumentus (skaitant konkurencinio
   dialogo ir dinamins pirkim sistemos dokumentus) galima gauti i:
   Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
   centras
   302496128
   Demokrat g. 53
   Kam: Laima Lenkauskait
   LT-48485 Kaunas
   LIETUVA
   Telefonas: +370 37308666
   Faksas: +370 37308668
   I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
   staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
   I.3)Pagrindin veikla
   Kita: moksliniai tyrimai
   I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij vardu
   Perkanioji organizacija perka kit perkanij organizacij vardu: ne
   II dalis: Sutarties objektas
   II.1)Apraymas
   II.1.1)Pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik sutariai:
   Lauko uniformos komplekt drgnam orui mediagos ir priedai.
   II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
   teikimo vieta
   Preks
   Pirkimas
   Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
   Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
   centras, Tekstils institutas, Demokrat 53, LT-48485 Kaunas.
   NUTS kodas
   II.1.3)Informacija apie viej sutart, preliminarj susitarim arba
   dinamin pirkimo sistem (DPS)
   Skelbimas susijs su vieja sutartimi
   II.1.4)Informacija apie preliminarj susitarim
   II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas
   Lauko uniformos komplekt drgnam orui mediagos ir priedai.
   II.1.6)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   19000000, 19210000, 19500000
   II.1.7)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
   Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
   II.1.8)Pirkimo dalys
   i sutartis padalyta  dalis: taip
   Pasilymai gali bti teikiami dl vienos ar daugiau pirkimo dali
   II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasilymus
   Leidiama pateikti alternatyvius pasilymus: ne
   II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
   II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
   Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
   II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
   Pasirinkimo galimybs: ne
   II.2.3)Informacija apie pratsimus
   i sutartis gali bti pratsta: ne
   II.3)Sutarties trukm arba vykdymo terminas
   Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
   Informacija apie pirkimo dalis
   Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Audiniai ir kitos
   mediagos
   1)Trumpas apraymas
    Poliamidinis audinys,
    poliamidinis audinys su polimerine danga,
    poliamidinis audinys su nelaidia vandeniui polimerine danga,
    erdvins struktros megztin mediaga,
    tinklin megztin mediaga,
    neaustin mediaga.
   2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   19000000, 19210000
   3)Kiekis arba apimtis
    Poliamidinis audinys 9 600 m,
    poliamidinis audinys su polimerine danga 1 500 m,
    poliamidinis audinys su nelaidia vandeniui polimerine danga 1 000 m,
    erdvins struktros megztin mediaga 500 m,
    tinklin megztin mediaga 200 kg,
    neaustin mediaga 300 m.
   4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
   dat
   Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
   5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
   Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
   Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Trisluoksnis laminatas
   su bikomponentine membrana
   1)Trumpas apraymas
   Trisluoksnis laminatas su bikomponentine membrana.
   2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   19210000
   3)Kiekis arba apimtis
   7 200 m.
   4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
   dat
   Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
   5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
   Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
   Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Siuvimo priedai
   1)Trumpas apraymas
    Kibieji tekstiliniai usegimai Velkro,
    utrauktukai,
    techninis diras,
    elastin juosta (guma),
    tekstilin juosta,
    plastikin furnitra,
    silai,
    metalin furnitra,
    sili sandarinimo juosta,
    termoplastin plvel BSN-J (sausi klijai).
   2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   19500000
   3)Kiekis arba apimtis
   Kibieji tekstiliniai usegimai Velkro vairi ploi:
    2,0 cm (velni)  1 000 m,
    2,0 cm (iurkti)  1 000 m,
    2,5 cm (velni)  3 350 m,
    2,5 cm (iurkti)  2 875 m,
    3,8 cm (velni)  200 m,
    3,8 cm (iurkti)  150 m,
    5,0 cm (velni)  3 000 m,
    5,0 cm (iurkti)  900 m,
    10,0 cm (velni)  500 m.
   Utrauktukai:
    plastikiniai vairi ilgi:
    65 cm  21 vnt.,
    68 cm  52 vnt.,
    71 cm  168 vnt.,
    74 cm  621 vnt.,
    77 cm  681 vnt.,
    80 cm  590 vnt.,
    83 cm  31 vnt.,
    86 cm  5 vnt.,
    28 cm  45 vnt.,
    30 cm  4040 vnt.,
    32 cm  1670 vnt.,
    36 cm  2345 vnt.,
    spiraliniai vairi ilgi:
    18 cm  5 370 vnt.,
    20 cm  2 146 vnt.,
    21 cm  4 030 vnt.,
    17 cm  21 vnt.,
    18 cm  225 vnt.,
    19 cm  1 300 vnt.,
    20 cm  486 vnt.,
    21 cm  5 vnt.,
    nelaids vandeniui:
    27 cm  45 vnt..,
    30 cm  1 660 vnt.,
    33 cm  2 340 vnt.,
   Techninis diras vairi ploi:
    2,0 cm  450 m,
    2,5 cm  1 100 m,
    4,7 cm  1 200 m,
    elastin juosta (guma)vairi ploi:
    2,0 cm  1 500 m,
    3,5 cm  1 500 m,
    5,0 cm  5 400 m,
    2,0 cm  420 m,
    tekstilin juosta vairi ploi:
    0,7 cm  850 m,
    1,0 cm  7 300 m,
    2,0 cm  550 m,
    plastikin furnitra: 42 500 vnt.,
    silai: 490 pak.,
    metalin furnitra: 36 000 kompl. (4 dalys),
    sili sandarinimo juosta: 50 000 m,
    termoplastin plvel BSN-J (sausi klijai): 100 m.
   4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
   dat
   Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
   5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
   Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
   III dalis: Teisin, ekonomin, finansin ir technin informacija
   III.1)Su sutartimi susijusios slygos
   III.1.1)Reikalaujami ustatai ir garantijos:
   Sutarties vykdymo utikrinimas  netesybos.
   III.1.2)Pagrindins finansavimo slygos ir atsiskaitymo tvarka bei
   (arba) nuorodos  atitinkamas jas reglamentuojanias nuostatas:
   U pristatytas prekes Pirkjas sipareigoja sumokti Pardavjui
   pagal pateikt PVM sskait faktr per 30(trisdeimt) kalendorini
   dien nuo sskaitos pateikimo ir preki perdavimoprimimo akto
   pasiraymo.
   III.1.3)Teisin forma, kuri turi gyti kio subjekt grup, su kuria
   bus sudaryta sutartis:
   Nereikalaujama.
   III.1.4)Kitos ypatingos slygos
   Sutarties vykdymui taikomos ypatingos slygos: ne
   III.2)Dalyvavimo slygos
   III.2.1)Informacija apie asmenin kio subjekto padt, skaitant
   reikalavimus, susijusius su traukimu  profesinius ar prekybos
   registrus
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams: 1. Tiekjas (fizinis asmuo) arba tiekjo (juridinio
   asmens) vadovas ar kins bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
   (turintys) teis juridinio asmens vardu sudaryti sandor, ir buhalteris
   (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
   teis surayti ir pasirayti tiekjo apskaitos dokumentus, neturi
   teistumo (arba teistumas yra inyks ar panaikintas), ir dl tiekjo
   (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
   siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u dalyvavim
   nusikalstamame susivienijime, jo organizavim ar vadovavim jam, u
   kyininkavim, tarpininko kyininkavim, papirkim, sukiavim,
   kredito, paskolos ar tikslins paramos panaudojim ne pagal paskirt ar
   nustatyt tvark, kreditin sukiavim, mokesi nesumokjim,
   neteising duomen apie pajamas, peln ar turt pateikim,
   deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim, nusikalstamu
   bdu gauto turto gijim ar realizavim, nusikalstamu bdu gyt pinig
   ar turto legalizavim. Dl tiekjo i kitos valstybs nra priimtas ir
   siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u 31.3.2004 Europos
   Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dl vieojo darb, preki
   ir paslaug pirkimo sutari sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1
   dalyje ivardytuose Europos Sjungos teiss aktuose apibrtus
   nusikaltimus. Pateikiama: iraas i teismo sprendimo arba Informatikos
   ir ryi departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs
   mons Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta
   tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
   institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies
   institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija),
   iduotas ne anksiau kaip 60 dien iki pasilym pateikimo termino
   pabaigos. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jo galiojimo
   terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo
   galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
   2. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekjo, kuris yra juridinis
   asmuo, dalyvis, turintis bals daugum juridinio asmens dalyvi
   susirinkime, neturi neinykusio ar nepanaikinto teistumo u
   nusikalstam bankrot. Pateikiama: iraas i teismo sprendimo arba
   Informatikos ir ryi departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar
   valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs
   nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
   kompetenting institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio
   alies institucijos dokumentas, iduotas ne anksiau kaip 60 dien iki
   pasilym pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iduotas anksiau,
   taiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas,
   toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
   Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
   3. Tiekjas turi teis verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo
   sutariai vykdyti, t.y. tiekjas yra registruotas teiss akt
   nustatyta tvarka ir turi teis verstis su pirkimo objektu susijusia
   veikla. Pateikiama: valstybs mons Registr centro trumpasis iraas
   ir statai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekjo teis verstis
   atitinkama veikla arba atitinkamos usienio alies institucijos
   (profesini ar veiklos tvarkytoj, valstybs galiot institucij
   paymos, kaip yra nustatyta toje valstybje, kurioje tiekjas
   registruotas) iduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti
   tiekjo teis verstis atitinkama veikla.
   Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
   III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajgumas
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams: Netaikoma.
   III.2.3)Techniniai pajgumai
   Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
   reikalavimams:
   Netaikoma.
   III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
   III.3)Paslaug sutartims taikomos specialios slygos
   III.3.1)Informacija apie tam tikr profesij
   III.3.2)U paslaugos teikim atsakingi darbuotojai
   IV dalis: Procedra
   IV.1)Procedros tipas
   IV.1.1)Procedros tipas
   Atvira procedra
   IV.1.2)Subjekt, kurie bus pakviesti teikti pasilymus ar dalyvauti
   pirkimo procedroje, skaiiaus apribojimai
   IV.1.3)Subjekt skaiiaus mainimas deryb ar dialogo metu
   IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
   IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
   Maiausia kaina
   IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
   Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
   IV.3)Administracin informacija
   IV.3.1)Perkaniosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
   IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
   ne
   IV.3.3)Specifikacij ir papildom dokument ar apraomojo dokumento
   gavimo slygos
   Praym pateikti dokumentus primimo ar susipainimo su dokumentais
   terminas: 8.2.2016 - 14:00
   Dokumentai yra mokami: ne
   IV.3.4)Pasilym ar paraik dalyvauti pirkimo procedroje primimo
   terminas
   15.2.2016 - 14:00
   IV.3.5)Kvietim teikti pasilymus ar dalyvauti pirkimo procedroje
   isiuntimo atrinktiems kandidatams data
   IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai ar
   paraikos dalyvauti pirkimo procedroje
   lietuvi kalba. angl kalba.
   IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kur dalyvis privalo utikrinti
   pasilymo galiojim
   iki: 15.5.2016
   IV.3.8)Susipainimo su pasilymais slygos
   Data: 15.2.2016 - 14:00
   Vieta:
   A. Gotauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 233 kabinetas.
   Asmenys, kuriems leidiama dalyvauti susipainimo su pasilymais
   procedroje: taip
   Papildoma informacija apie galiotuosius asmenis ir susipainimo su
   pasilymais procedr: Tiekjai arba j galioti asmenys.
   VI dalis: Papildoma informacija
   VI.1)Informacija apie periodikum
   Tai periodikas vieasis pirkimas: ne
   VI.2)Informacija apie Europos Sjungos fondus
   Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
   Europos Sjungos fond lomis: ne
   VI.3)Papildoma informacija
   Elektroninis pirkimas vykdomas tik CVP IS priemonmis, visa su pirkimu
   susijusi informacija skelbiama CVP IS
   ([10]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
   VI.4)Skund pateikimo procedra
   VI.4.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
   VI.4.2)Skund pateikimas
   Tiksli informacija apie skund pateikimo termin(-us): 1. Tiekjas,
   kuris mano, kad perkanioji organizacija nesilaik LR Viej pirkim
   statymo reikalavim ir tuo paeid ar paeis jo teistus interesus,
   turi teis iki pirkimo sutarties sudarymo ratu CVP IS priemonmis
   pareikti pretenzij perkaniajai organizacijai dl perkaniosios
   organizacijos veiksm ar priimt sprendim. Pretenzijos pateikimas yra
   privaloma ikiteismin gino nagrinjimo stadija.
   2. Pretenzija pateikiama perkaniajai organizacijai ratu CVP IS
   priemonmis. Tiekjas turi teis pateikti pretenzij perkaniajai
   organizacijai, pateikti praym ar pareikti iekin teismui (iskyrus
   iekin dl pirkimo sutarties pripainimo negaliojania):
   2.1. per 15 dien nuo perkaniosios organizacijos praneimo ratu apie
   jos priimt sprendim isiuntimo tiekjams dienos;
   2.2. per 10 dien nuo paskelbimo apie perkaniosios organizacijos
   priimt sprendim dienos, jeigu Viej pirkim statyme nra
   reikalavimo ratu informuoti tiekjus apie perkaniosios organizacijos
   priimtus sprendimus.
   VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
   VI.5)io skelbimo isiuntimo data:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Werkzeug - FR-Avignon
Werkzeug
Industrielle Maschinen
Baustoffe und Zubehör
Dokument Nr...: 27373-2016 (ID: 2016012709081466273)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  FR-Avignon: Werkzeug
   2016/S 18/2016 27373
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Département de Vaucluse
   rue Viala
   Kontaktstelle(n): Service central des marchés
   Zu Händen von: M. le président
   84000 Avignon
   FRANKREICH
   Telefon: +33 432407953
   E-Mail: [4]marches.education@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407949
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.vaucluse.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Weitere Auskünfte erteilen: Conseil départemental de Vaucluse-direction
   de l'Education-sous-direction programmation et développement
   rue Viala
   Zu Händen von: Joëlle Roble
   84909 Avignon Cedex 9
   Telefon: +33 432407824
   E-Mail: [7]marches.education@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407840
   Internet-Adresse: [8]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Conseil départemental de Vaucluse  direction des affaires
   juridiques et du contentieux
   rue Viala (pour un retrait sur place: 35 rue d'Annanelle  entrée a 
   2ème étage)
   Zu Händen von: Service central des marchés
   84909 Avignon Cedex 9
   Telefon: +33 432407954
   E-Mail: [9]servicemarches@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407949
   Internet-Adresse: [10]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Conseil
   départemental de Vaucluse  direction des affaires juridiques et du
   contentieux
   rue Viala (pour un dépôt sur place: 35 rue d'Annanelle  entrée a 
   2ème étage)
   Zu Händen von: Service central des marchés
   84909 Avignon Cedex 9
   Internet-Adresse: [11]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44510000, 42000000
   Beschreibung
   Werkzeug.
   Industrielle Maschinen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   2.3.2016 - 15:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:marches.education@vaucluse.fr?subject=TED
   5. http://www.vaucluse.fr/
   6. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
   7. mailto:marches.education@vaucluse.fr?subject=TED
   8. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
   9. mailto:servicemarches@vaucluse.fr?subject=TED
  10. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
  11. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
OT: 27/01/2016    S18    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Avignon: Outils
   2016/S 018-027373
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Département de Vaucluse
   rue Viala
   Point(s) de contact: Service central des marchés
   À l'attention de: M. le président
   84000 Avignon
   FRANCE
   Téléphone: +33 432407953
   E-mail: [6]marches.education@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407949
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.vaucluse.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Conseil départemental de Vaucluse-direction de
   l'Education-sous-direction programmation et développement
   rue Viala
   À l'attention de: Joëlle Roble
   84909 Avignon Cedex 9
   Téléphone: +33 432407824
   E-mail: [9]marches.education@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407840
   Adresse internet: [10]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Conseil départemental de Vaucluse  direction des affaires
   juridiques et du contentieux
   rue Viala (pour un retrait sur place: 35 rue d'Annanelle  entrée a 
   2ème étage)
   À l'attention de: Service central des marchés
   84909 Avignon Cedex 9
   Téléphone: +33 432407954
   E-mail: [11]servicemarches@vaucluse.fr
   Fax: +33 432407949
   Adresse internet: [12]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Conseil départemental de Vaucluse  direction des affaires
   juridiques et du contentieux
   rue Viala (pour un dépôt sur place: 35 rue d'Annanelle  entrée a 
   2ème étage)
   À l'attention de: Service central des marchés
   84909 Avignon Cedex 9
   Adresse internet: [13]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Petit outillage et matériel d'entretien à destination des collèges
   publics vauclusiens  lot no1 outillage atelier facto.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Outillage d'atelier
    lieu principal d'exécution/livraison: 36 collèges du département de
   vaucluse
    code nuts: fr826.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44510000, 42000000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Sans minimum  sans maximum.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles: 3
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Information sur les lots
   Lot nº: 1 Intitulé: Outillage atelier facto
   1)Description succincte
   Outillage atelier facto.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44100000, 42000000
   3)Quantité ou étendue
   Marché à bons de commande suivant les dispositions de l'article 77 du
   code des marchés publics, sans montant minimum ni montant maximum.
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 2
   1)Description succincte
   Voir lot ci dessus.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44100000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   5)Information complémentaire sur les lots
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
   les règlementent:
   Ressources propres  budget départemental  nature: 2188- fonction: 221
    opération: 6ppennet.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Paiement par mandat administratif à 30 jours à compter de la réception
   de la demande de règlement.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra
   produire les pièces mentionnées à l'article 8.1 « renseignements
   relatifs à la candidature » du règlement de la consultation.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Prix des prestations. Pondération 60
   2. Durée de garantie. Pondération 20
   3. Service après-vente. Pondération 15
   4. Qualité environnementale. Pondération 5
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   2.3.2016 - 15:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
    la présente consultation est initiée suite à une décision de renoncer
   à passer le marché pour des motifs d'intérêt général.
    durée du marché ou délai d'exécution/livraison: de sa notification au
   31 décembre 2016
    marché à bons de commande suivant les dispositions de l'article 77 du
   code des marchés publics
    sans montant minimum
    sans montant maximum
    une visite sur site est-elle obligatoire ' non.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Nimes
   16 avenue Feuchères
   30941 Nîmes Cedex 9
   Téléphone: +33 466273700
   Fax: +33 466362786
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Nimes
   16 avenue Feuchères
   30941 Nîmes Cedex 9
   Téléphone: +33 466273700
   Fax: +33 466362786
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Chemische Erzeugnisse - BG-Sofia
Chemische Erzeugnisse
Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung
Chemische Reagenzien
Laborreagenzien
Desinfektionsmittel
Medizinische Verbrauchsartikel
Dokument Nr...: 27473-2016 (ID: 2016012709100766376)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  BG-Sofia: Chemische Erzeugnisse
   2016/S 18/2016 27473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na hematologichni
   zabolyavaniya EAD
   ul. Plovdivsko pole No. 6
   Kontaktstelle(n): ul. Plovdivsko pole No. 6
   Zu Händen von: Kalin Kostov
   1756 Sofiya
   BULGARIEN
   Telefon: +359 879544761
   Fax: +359 29701107
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.nsbalhz.bg
   Adresse des Beschafferprofils: [5]www.nsbalhz.bg
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   24000000, 33696100, 33696300, 33696500, 24455000, 33140000
   Beschreibung
   Chemische Erzeugnisse.
   Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung.
   Chemische Reagenzien.
   Laborreagenzien.
   Desinfektionsmittel.
   Medizinische Verbrauchsartikel.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 350 405,77 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr:  -1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
     91   010652246
   .    1
   1528 
   BULGARIEN
   Telefon: +359 29446363
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 350 405,77 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 12
References
   4. http://www.nsbalhz.bg/
   5. http://www.nsbalhz.bg/
OT: 27/01/2016    S18    - -  -      -
          
   -:  
   2016/S 018-027473
      
   
    2004/18/
    :  
   I.1),   /  
         
    
   200105779
   .    6
   /  : .    6
     :  
   1756 
   
   : +359 879544761
      : [6]sbalhz@abv.bg
   : +359 29701107
    /:
        : [7]www.nsbalhz.bg
       : [8]www.nsbalhz.bg
   I.2)   
    
   I.3) 
   
   I.4)        
            :
   
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
     ,     
   .
   II.1.2)        , 
          
   
   
          ,  
         : .  
    6.
    NUTS BG411
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /
     ,     
   .
   II.1.5)O   (CPV)
   24000000, 33696100, 33696300, 33696500, 24455000, 33140000
   II.1.6)      (GPA)
            (GPA):
   
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 350 405,77 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
          
           
          (  ):
    2004/18/
   1)         
              
    2004/18/
           :  
         . 90 . 1 . 2   
   ,   ,    ,   No
   3-160/03.07.2015 .       
       . 39 . 1 . 3   -
          
      .
   IV.2)  
   IV.2.1)  
    -    
   1. - .  60
   2. .  40
   IV.2.2)   
      : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,    
   IV.3.2)    
      
         : [9]2015/S 030-050172  12.2.2015
    V:   
    :  -1   : 1 -   
   :   ,     
   
   V.1)      :
   15.10.2015
   V.2)  
      : 7
   V.3)     ,    
        
     91   010652246
   .    1
   1528 
   
   : +359 29446363
   V.4)    
        :
   : 350 405,77 BGN
       
             :
    : 12
   V.5)    /
          /: 
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
   VI.3)  
   VI.3.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [10]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [11]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bitumen und Asphalt - ES-Madrid
Bitumen und Asphalt
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Dokument Nr...: 27573-2016 (ID: 2016012709114366473)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  ES-Madrid: Bitumen und Asphalt
   2016/S 18/2016 27573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
   Maldonado, 58
   Kontaktstelle(n): Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
   28006 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 913963667
   E-Mail: [4]contratacion@tragsa.es
   Fax: +34 913969172
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tragsa.es
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44113600, 45233222
   Beschreibung
   Bitumen und Asphalt.
   Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 182 406,77 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 238.196
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Construcciones Nila, S.A.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 182 406,77 EUR
References
   4. mailto:contratacion@tragsa.es?subject=TED
   5. http://www.tragsa.es/
   6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
OT: 27/01/2016    S18    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
   España-Madrid: Betún y asfalto
   2016/S 018-027573
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
   Maldonado, 58
   Punto(s) de contacto: Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
   28006 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 913963667
   Correo electrónico: [6]contratacion@tragsa.es
   Fax: +34 913969172
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.tragsa.es
   Dirección del perfil de comprador:
   [8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Otros: entidades del sector público
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Medio ambiente
   Economía y Hacienda
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Celebración de un contrato mixto de suministro y construcción de firme
   con aglomerado en caliente en el camino Calderón Carretón en los TT.MM.
   de Benalúa-Iznalloz (Granada). Proyecto cofinanciado por la Unión
   Europea: Fondos FEADER (75 %).
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: El lugar de entrega se verificará en obra, sobre medio de
   transporte adecuado, en los lugares a indicar por TRAGSA.
   Código NUTS ES
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Celebración de un contrato mixto de suministro y construcción de firme
   con aglomerado en caliente en el camino Calderón Carretón en los TT.MM.
   de Benalúa-Iznalloz (Granada). Proyecto cofinanciado por la Unión
   Europea: Fondos FEADER (75 %).
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   44113600, 45233222
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 182 406,77 EUR
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
   licitación
   Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
   un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (DOUE):
   Directiva 2004/18/CE
   1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
   publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
   dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
   Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para
   el poder adjudicador y con arreglo a las condiciones estrictas que se
   establecen en la Directiva.
   Situación de extrema urgencia.
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   TSA000059356
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: 238.196
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   17.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Construcciones Nila, S.A.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total final del contrato:
   Valor: 182 406,77 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Spezial-Arbeitskleidung - SE-Ludvika
Spezial-Arbeitskleidung
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
Kleidung
Dokument Nr...: 27673-2016 (ID: 2016012709130766564)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  SE-Ludvika: Spezial-Arbeitskleidung
   2016/S 18/2016 27673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling
   Upphandlingscenter
   Zu Händen von: Karolina Gistö
   SE-771 82 Ludvika
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]karolina.gisto@ludvika.se
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announce
   ment.aspx?id=24137
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   18130000, 18100000, 18300000
   Beschreibung
   Spezial-Arbeitskleidung.
   Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör.
   Kleidung.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Alemdahls i Alingsås AB
   SCHWEDEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:karolina.gisto@ludvika.se?subject=TED
   5. https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=24137
OT: 27/01/2016    S18    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
   förfarande
   Sverige-Ludvika: Specialarbetskläder
   2016/S 018-027673
   Meddelande om tilldelning av kontrakt
   Varor
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling
   Upphandlingscenter
   Att: Karolina Gistö
   SE-771 82 Ludvika
   SVERIGE
   E-post: [6]karolina.gisto@ludvika.se
   Internetadress(er):
   Upphandlande myndighet:
   [7]https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announce
   ment.aspx?id=24137
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: nej
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Benämning på upphandlingen
   Arbetskläder  omsorgen.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Varor
   Köp
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Dalarnas län.
   NUTS-kod SE312
   II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Avtalen omfattar köp av arbetskläder till kommunerna Borlänge, Falun,
   Ludvika, Säter och Gagnef.
   Arbetskläderna är till personal inom omsorgens olika enheter. Därutöver
   kan enstaka inköp från andra verksamheter förekomma under
   avtalsperioden.
   II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   18130000, 18100000, 18300000
   II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
   1. Rabatt övrigt sortiment
   2. Måttbeställning
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion har använts: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
   GNU 2014/165
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   nej
   Avsnitt V: Kontraktstilldelning
   Kontrakt nr: 1 Benämning: Almedahls
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   V.2)Information om anbuden
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Alemdahls i Alingsås AB
   SVERIGE
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Information om EU-medel
   Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
   EU-medel: nej
   VI.2)Kompletterande information:
   Visma Commerce-annons: [8]http://www.opic.com/notice.asp?req=digqtxvg
   VI.3)Överprövningsförfaranden
   VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.3.2)Överprövning
   VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.4)Datum då meddelandet sänts:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Tests, Analysen und Beratung - FR-Nanterre
Technische Tests, Analysen und Beratung
Dokument Nr...: 2773-2016 (ID: 2016010609071440156)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  FR-Nanterre: Technische Tests, Analysen und Beratung
   2016/S 3/2016 2773
   Agence de l'eau Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, Zu Händen
   von: M. Cau Gourdon Nathalie, Nanterre 92000, FRANKREICH
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 8.12.2015, [1]2015/S
   237-430702)
   Betr.:
   CPV:71600000
   Technische Tests, Analysen und Beratung
   Anstatt:
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus Adresse internet:
   [2]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
   muss es heißen:
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus Adresse internet:
   [3]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
   Weitere zusätzliche Informationen
   Ce rectificatif est dû à une erreur initiale de la clé de chiffrement
   pour la remise des plis électronique.
   Il n'y a aucune modification du Dce.
   Le lien vers la nouvelle consultation où les plis électroniques doivent
   être remis est le suivant:
   [4]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-181871, mise en ligne le 3.12.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430702-2015:TEXT:DE:HTML
   2. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
   3. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
   4. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
OT: 06/01/2016    S3    - - Services - Informations complémentaires -
   Procédure ouverte
   France-Nanterre: Services d'essais techniques, services d'analyses et
   services de conseil
   2016/S 003-002773
   Agence de l'eau Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, À l'attention
   de: M. Cau Gourdon Nathalie, Nanterre 92000, FRANCE
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 8.12.2015,
   [1]2015/S 237-430702)
   Objet:
   CPV:71600000
   Services d'essais techniques, services d'analyses et services de
   conseil
   Au lieu de:
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus Adresse internet:
   [2]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
   Lire:
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus Adresse internet:
   [3]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
   Autres informations complémentaires
   Ce rectificatif est dû à une erreur initiale de la clé de chiffrement
   pour la remise des plis électronique.
   Il n'y a aucune modification du Dce.
   Le lien vers la nouvelle consultation où les plis électroniques doivent
   être remis est le suivant:
   [4]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
   15-181871, mise en ligne le 3.12.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-Hamburg
Gebäudereinigung
Fensterreinigung
Dokument Nr...: 27773-2016 (ID: 2016012709135666658)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  DE-Hamburg: Gebäudereinigung
   2016/S 18/2016 27773
   Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH, Dammtorwall 46,
   Technische Leitung, Zu Händen von: Herrn Dennis Just, Hamburg 20355,
   DEUTSCHLAND. Telefon: 040 /357666-76. E-Mail:
   reinigung@elbphilharmonie.de
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 21.1.2016, [1]2016/S
   014-020494)
   Betr.:
   CPV:90911200, 90911300
   Gebäudereinigung
   Fensterreinigung
   Anstatt:
   Angaben zu den Losen:
   Los-Nr: 1
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 23:59 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
   (...)
   Los-Nr: 2
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 23:59 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
   (...)
   Los-Nr: 3
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 23:59 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
   (...)
   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung:
   10.3.2016 (23:59)
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   10.3.2016 (9:00)
   muss es heißen:
   Angaben zu den Losen:
   Los-Nr.: 1:
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 9:00 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
   (...)
   Los-Nr.: 2:
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 9:00 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
   (...)
   Los-Nr.: 3:
   5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
   Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
   10.3.2016, 9:00 Uhr;
   Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
   (...)
   IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung:
   10.3.2016 (9:00)
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   10.3.2016 (10:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:020494-2016:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten - PL-Warschau
Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
Dokument Nr...: 27873-2016 (ID: 2016012709150366764)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  PL-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
   2016/S 18/2016 27873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Zakad Ubezpiecze Spoecznych III, Oddzia w Warszawie
   ul. Czerniakowska 16
   Zu Händen von: Adam Konopko
   00-701 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 228904392
   E-Mail: [4]adam.konopko@zus.pl
   Fax: +48 228276993
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.zus.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79710000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   9.2.2016 - 10:30
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:adam.konopko@zus.pl?subject=TED
   5. http://www.zus.pl/
OT: 27/01/2016    S18    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi ochroniarskie
   2016/S 018-027873
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Zakad Ubezpiecze Spoecznych III, Oddzia w Warszawie
   ul. Czerniakowska 16
   Osoba do kontaktów: Adam Konopko
   00-701 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 228904392
   E-mail: [6]adam.konopko@zus.pl
   Faks: +48 228276993
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.zus.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: ubezpieczenia spoeczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach I,
   II i III Oddziau ZUS w Warszawie oraz Oddziau ZUS w Siedlcach i
   Oddziau ZUS w Radomiu.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 23: Usugi detektywistyczne i ochroniarskie z
   wyjtkiem usug samochodów opancerzonych
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Cz nr 1:
    I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
    Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
   Cz nr 2:
    II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
    Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
    Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
   Dwór Mazowiecki;
    Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
    Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
    Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
   Cz nr 3:
    III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
    Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
    Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
    Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
    Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
    Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
    Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
   Grodzisk Mazowiecki,
    Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
   Cz nr 4:
    Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
    Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
    Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
   Mazowiecki,
    Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
   Podlaski,
    Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
   Cz nr 5:
    Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
    Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
    Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
    Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
    Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
    Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
    Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
    Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   1. Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
   I, II i III Oddziau ZUS w Warszawie oraz Oddziau ZUS w Siedlcach i
   Oddziau ZUS w Radomiu.
   2. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych z podziaem na 5
   Czci:
   2.1. Cz nr 1: usugi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w
   Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
    I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
    Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
   2.2. Cz nr 2: usugi ochrony osób i mienia w II Oddziale ZUS w
   Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
    II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
    Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
    Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
   Dwór Mazowiecki;
    Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
    Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
    Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to
   268 705 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
   wniosek Zamawiajcego).
   2.3. Cz nr 3: usugi ochrony osób i mienia w III Oddziale ZUS w
   Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
    III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
    Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
    Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
    Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
    Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
    Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
    Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
   Grodzisk Mazowiecki,
    Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 247 883 rbg.
   2.4. Cz nr 4: usugi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w
   Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
    Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
    Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
    Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
   Mazowiecki,
    Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
   Podlaski,
    Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 91 641 rbg.
   2.5. Cz nr 5: usugi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Radomiu,
   w niej wymienionych lokalizacjach:
    Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
    Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
    Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
    Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
    Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
    Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
    Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
    Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 164 159 rbg.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: tak
   Oferty mona skada w odniesieniu do jednej lub wicej czci
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Cz nr 1:
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
   Cz nr 2:
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to
   268 705 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
   wniosek Zamawiajcego).
   Cz nr 3:
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 247 883 rbg.
   Cz nr 4:
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 91 641 rbg.
   Cz nr 5:
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 164 159 rbg.
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   Informacje o czciach zamówienia
   Cz nr: 1 Nazwa: Usugi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w
   Warszawie
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach I
   Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
    I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
    Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   3)Wielko lub zakres
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Cz nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
   mienia w obiektach II Oddziau ZUS w Warszawie
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach II
   Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
    II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
    Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
   Warszawa;
    Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
    Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
    Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
   Dwór Mazowiecki;
    Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
    Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
    Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to
   268 705 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
   wniosek Zamawiajcego).
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   3)Wielko lub zakres
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
   zamówienia to
   268 705 rbg, w tym:
    pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
    pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
   ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
   wniosek Zamawiajcego).
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Cz nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
   mienia w obiektach III Oddziau ZUS w Warszawie
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach III
   Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
    III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
    Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
    Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
    Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
    Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
    Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
    Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
   Grodzisk Mazowiecki,
    Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 247 883 rbg.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   3)Wielko lub zakres
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 247 883 rbg.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Cz nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
   mienia w obiektach Oddziau ZUS w Siedlcach
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
   Oddziau ZUS w Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
    Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
    Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
    Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
   Mazowiecki,
    Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
   Podlaski,
    Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 91 641 rbg.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   3)Wielko lub zakres
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 91 641 rbg.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Cz nr: 5 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
   mienia w obiektach Oddziau ZUS w Radomiu.
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
   Oddziau ZUS w Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
    Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
    Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
    Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
    Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
    Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
    Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
    Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
    Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 164 159 rbg.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79710000
   3)Wielko lub zakres
   Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
   kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
   zamówienia to 164 159 rbg.
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   1. Zamawiajcy wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
   2. Wykonawca przed upywem terminu skadania ofert zobowizany jest
   wnie wadium w wysokoci:
   2.1. Cz nr 1: 80 000 PLN,
   2.2. Cz nr 2: 70 000 PLN,
   2.3. Cz nr 3: 60 000 PLN,
   2.4. Cz nr 4: 20 000 PLN,
   2.5. Cz nr 5: 40 000 PLN.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia:
   1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
   ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o
   udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
   postpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
   publicznego.
   2. skadaj jedn ofert, przy czym:
   2.1. owiadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.2 i w ust. 2
   niniejszego Rozdziau skada kady z wykonawców,
   2.2. owiadczenie i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.1, 1.3 i 1.4
   niniejszego Rozdziau skadaj wszyscy wykonawcy wspólnie.
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Warunki udziau w postpowaniu:
   1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mog ubiega
   si wykonawcy, którzy speniaj warunki, dotyczce:
   1.1. posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania:
   zamawiajcy uzna, e warunek zosta speniony, jeeli wykonawca wykae,
   e posiada aktualn koncesj wydan przez ministra waciwego do spraw
   wewntrznych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug
   ochrony osób i mienia na obszarze, na którym bdzie wykonywane
   zamówienie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób
   i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z pón. zm.).
   1.2. posiadania wiedzy i dowiadczenia  zamawiajcy uzna, e warunek
   zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e w okresie ostatnich
   trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
   prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wykona lub
   nadal wykonuje w sposób naleyty minimum 2 usugi, wiadczone
   nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesicy, polegajc na
   caodobowej ochronie osób i mienia w formie bezporedniej ochrony
   fizycznej w budynkach uytecznoci publicznej* o rocznej wartoci umowy
   nie mniejszej ni:
    cz nr 1: 1 100 000 PLN brutto,
    cz nr 2: 1 000 000 PLN brutto,
    cz nr 3: 800 000 PLN brutto,
    cz nr 4: 300 000 PLN brutto,
    cz nr 5: 600 000 PLN brutto.
   Wykonawca skadajc ofert na wicej ni jedn Cz, moe wskaza t
   sam usug (kontrakt) do kilku Czci.
   * Przez budynki uytecznoci publicznej naley rozumie obiekty
   wedug definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporzdzenia Ministra
   Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
   powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.
   1422), tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,
   wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty,
   szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej
   lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym
   usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsugi
   pasaerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
   wodnym ródldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
   podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje
   si take budynek biurowy lub socjalny.
   1.3. dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
   zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiajcy nie precyzuje
   szczegóowego warunku w tym zakresie.
   1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  zamawiajcy uzna, e warunek
   zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e posiada ubezpieczenie od
   odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci
   zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni:
    cz nr 1: 1 100 000 PLN,
    cz nr 2: 1 000 000 PLN,
    cz nr 3: 800 000 PLN,
    cz nr 4: 300 000 PLN,
    cz nr 5: 600 000 PLN.
   2. W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy, którzy speniaj warunek
   udziau
   w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w
   art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
   Owiadczenia i dokumenty jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
   potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu:
   1. W zakresie wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu, o
   których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naley zoy:
   1.1. owiadczenie wykonawcy o spenieniu warunków udziau w
   postpowaniu, okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  wzór
   owiadczenia stanowi zacznik nr 2 do SIWZ;
   1.2. aktualn koncesj wydan przez ministra waciwego do spraw
   wewntrznych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug
   ochrony osób i mienia na obszarze, na którym bdzie wykonywane
   zamówienie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób
   i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z pón. zm.).
   1.3. wykaz wykonanych lub wykonywanych, gównych usug w okresie
   ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
   prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem
   przedmiotu, wartoci, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
   usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodów, e zostay wykonane
   lub s wykonywane naleycie  wzór wykazu stanowi zacznik nr 3 do
   SIWZ.
   1.3.1. Dowodami, o których mowa w pkt 1.3 s:
   a) powiadczenie, z tym, e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   b) owiadczenie wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w lit. a);
   c) przypadku, gdy zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi w
   wykazie zostay wczeniej wykonane, wykonawca nie ma obowizku
   przedstawiania dowodów, o których mowa w lit. a) i b).
   1.4. opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument
   potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci
   cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem
   zamówienia, w wysokoci nie mniejszej ni wskazana w Rozdziale V pkt 1
   ppkt 1.4 SIWZ.
   2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie
   art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, naley zoy:
   2.1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia  wzór owiadczenia
   stanowi zacznik nr 4 do SIWZ;
   2.2. aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert;
   2.3. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   2.4. aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   2.5. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawion nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   2.6. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   2.7. list podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej w
   rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
   U. z 2015 r., poz. 184, z pón. zm.) albo informacj o tym, e nie
   naley do grupy kapitaowej- wzór stanowi zacznik nr 5 do SIWZ.
   3. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2
   3.1.1. w pkt 2.2-2.4 i 2.6  skada dokument lub dokumenty wystawione w
   kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
   odpowiednio, e:
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci,
   b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu,
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
   3.1.2. w pkt 2.5  skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
   administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
   dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i
   11 ustawy Pzp.
   3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1.1. lit. a) i c) oraz ust.
   3.1.2. powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed
   upywem terminu skadania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1.1.
   lit. b), powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert.
   3.3. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
   wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., zastpuje si je dokumentem
   zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
   do reprezentacji wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
   wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
   Przepis ust. 3.2. stosuje si odpowiednio.
   3.4. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu zoonego przez
   wykonawc majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajcy moe zwróci si do waciwych
   organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
   którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
   udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedoonego dokumentu.
   4. Jeeli wykonawca ma siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
   ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich zawiadczenie
   waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
   dotyczce niekaralnoci tych osób, w zakresie okrelonym w art. 24 ust.
   1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy
   przed upywem terminu skadania ofert, z tym, e w przypadku gdy w
   miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze 
   zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
   notariuszem.
   5. W przypadku, gdy wykonawc reprezentuje penomocnik, do oferty
   naley zaczy penomocnictwo, okrelajce zakres umocowania
   penomocnika. Penomocnictwo winno by zoone w formie oryginau lub
   kopii powiadczonej notarialnie.
   6. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia:
   6.1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
   ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o
   udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
   postpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
   publicznego.
   6.2. skadaj jedn ofert, przy czym:
   6.1.1. owiadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.2 i w ust. 2
   niniejszego Rozdziau skada kady z wykonawców,
   6.1.2. owiadczenie i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.1, 1.3 i 1.4
   niniejszego Rozdziau skadaj wszyscy wykonawcy wspólnie.
   7. Jeeli wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w
   art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
   7.1. w przypadku gdy podmioty te bd bray udzia w realizacji czci
   zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
   do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2.1.  2.6.
   7.2. zamawiajcy, w celu oceny, czy wykonawca bdzie dysponowa
   zasobami innych podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania
   zamówienia oraz oceny, czy stosunek czcy wykonawc z tymi podmiotami
   gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobów, da:
   7.2.1. w przypadku warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4.
    dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.4.
   7.2.2. zoenia dokumentów dotyczcych w szczególnoci:
   a) zakresu dostpnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawc, przy
   wykonywaniu zamówienia,
   c) charakteru stosunku, jaki bdzie czy wykonawc z innym podmiotem,
   d) zakresu i okresu udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
   zamówienia.
   8. Forma dokumentów:
   8.1. Dokumenty mog by skadane w formie oryginau lub kopii
   powiadczonej za zgodno z oryginaem przez wykonawc. W przypadku
   wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia oraz w
   przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
   dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s powiadczane za
   zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc lub te podmioty,
   natomiast zobowizanie podmiotu trzeciego do udostpnienia zasobów, na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca skada w
   oryginale wraz z penomocnictwem, o ile sposób reprezentacji podmiotu
   trzeciego nie wynika z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej.
   8.2. Zamawiajcy zada przedstawienia oryginau lub notarialnie
   powiadczonej kopii dokumentu wycznie wtedy, gdy zoona przez
   wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci, co do
   jej prawdziwoci.
   8.3. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym, winny by skadane wraz z
   tumaczeniem na jzyk polski.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  zamawiajcy uzna, e
   warunek zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e posiada
   ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej
   dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz
   ni:
    cz nr 1: 1 100 000 PLN,
    cz nr 2: 1 000 000 PLN,
    cz nr 3: 800 000 PLN,
    cz nr 4: 300 000 PLN,
    cz nr 5: 600 000 PLN.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   1.2. posiadania wiedzy i dowiadczenia  zamawiajcy uzna, e warunek
   zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e w okresie ostatnich
   trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
   prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wykona lub
   nadal wykonuje w sposób naleyty minimum 2 usugi, wiadczone
   nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesicy, polegajc na
   caodobowej ochronie osób i mienia w formie bezporedniej ochrony
   fizycznej w budynkach uytecznoci publicznej* o rocznej wartoci umowy
   nie mniejszej ni:
    cz nr 1: 1 100 000 PLN brutto,
    cz nr 2: 1 000 000 PLN brutto,
    cz nr 3: 800 000 PLN brutto,
    cz nr 4: 300 000 PLN brutto,
    cz nr 5: 600 000 PLN brutto.
   Wykonawca skadajc ofert na wicej ni jedn Cz, moe wskaza t
   sam usug (kontrakt) do kilku Czci.
   * Przez budynki uytecznoci publicznej naley rozumie obiekty
   wedug definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporzdzenia Ministra
   Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
   powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.
   1422), tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,
   wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty,
   szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej
   lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym
   usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsugi
   pasaerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
   wodnym ródldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
   podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje
   si take budynek biurowy lub socjalny.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena oferty brutto. Waga 94
   2. 1.2. Liczba osób skierowana do realizacji niniejszego zamówienia na
   stanowisku pracownika ochrony, zatrudniona na podstawie umowy o prac w
   przeliczeniu na peen etat. Waga 6
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   550000/271/32/2015-CZP
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   9.2.2016 - 10:30
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 9.2.2016 - 11:00
   Miejscowo:
   Warszawa, ul. Czerniakowska 16 (wejcie od ul. Czerniakowskiej, budynek
   VGB), pitro I, pok. 109.
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych, o
   których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (dotyczy czci nr 1, 2,
   3 i 4).
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [8]http://uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [9]http://uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Krankenhäusern - BE-Evere
Dienstleistungen von Krankenhäusern
Dokument Nr...: 27973-2016 (ID: 2016012709160066862)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  BE-Evere: Dienstleistungen von Krankenhäusern
   2016/S 18/2016 27973
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   MRMP-S/AT  direction générale material resources  division marchés
   publics  section «support systems» sous section acquisition textiles
   Rue d'Evere 1
   Zu Händen von: Vandenhende Paul Corneel
   1140 Evere
   BELGIEN
   Telefon: +32 27013280
   E-Mail: [4]paul.vandenhende@mil.be
   Fax: +32 207014522
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =224987
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
   tUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   85111000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Krankenhäusern.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 7.3.2016 - 09:15
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   8.3.2016 - 09:15
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch. Niederländisch.
References
   4. mailto:paul.vandenhende@mil.be?subject=TED
   5. http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
   6. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224987
   7. https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
OT: 27/01/2016    S18    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   Belgique-Evere: Services hospitaliers
   2016/S 018-027973
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   MRMP-S/AT  direction générale material resources  division marchés
   publics  section «support systems» sous section acquisition textiles
   Rue d'Evere 1
   À l'attention de: Vandenhende Paul Corneel
   1140 Evere
   BELGIQUE
   Téléphone: +32 27013280
   E-mail: [6]paul.vandenhende@mil.be
   Fax: +32 207014522
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
   =224987
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique:
   [9]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
   tUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Location, l'entretien et la livraison de linge utilisé à l'HMRA.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: B-1120 Bruxelles.
   Code NUTS BE1
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Location, l'entretien et la livraison de linge utilise à l'HMRA.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   85111000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   1 lot.
   Valeur estimée hors TVA:
   fourchette: entre 1 et 1 000 000 EUR
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Début 1.1.2017. Fin 31.12.2022
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Voir CSCh.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Voir CSCh.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Voir CSCh.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
   description de ces conditions: Voir CSCh.
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Voir CSCh.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Voir CSCh.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Voir CSCh.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Voir CSCh.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
   Classe: N/A, Catégorie: N/A.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   MRMP-S/AT-17ST400-F02_0
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
   aux documents: 7.3.2016 - 09:15
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   8.3.2016 - 09:15
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français. néerlandais.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Date: 8.3.2016 - 9:15
   Lieu:
   B-1140 Bruxelles
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
   Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les
   modalités d'ouverture: Tout le monde.
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Voir CSCh.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - PL-Krakau
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dokument Nr...: 28073-2016 (ID: 2016012709170266958)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  PL-Krakau: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
   2016/S 18/2016 28073
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
   pl. Wszystkich witych 3-4
   Zu Händen von: Izabela Wierzbicka
   31-004 Kraków
   POLEN
   Telefon: +48 126161811
   E-Mail: [4]info@um.krakow.pl
   Fax: +48 126161217
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.krakow.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Gmina Miejska
   Kraków, Urzd Miasta Krakowa
   pl. Wszystkich witych 3-4
   Zu Händen von: stanowisko nr 1
   31-004 Kraków
   POLEN
   Telefon: +48 126161488
   E-Mail: [6]info@um.krakow.pl
   Internet-Adresse: [7]www.bip.krakow.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79800000
   Beschreibung
   Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:info@um.krakow.pl?subject=TED
   5. http://www.bip.krakow.pl/
   6. mailto:info@um.krakow.pl?subject=TED
   7. http://www.bip.krakow.pl/
OT: 27/01/2016    S18    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Kraków: Usugi drukowania i powizane
   2016/S 018-028073
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
   pl. Wszystkich witych 3-4
   Osoba do kontaktów: Izabela Wierzbicka
   31-004 Kraków
   POLSKA
   Tel.: +48 126161811
   E-mail: [6]info@um.krakow.pl
   Faks: +48 126161217
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.krakow.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
   pl. Wszystkich witych 3-4
   Osoba do kontaktów: stanowisko nr 1
   31-004 Kraków
   POLSKA
   Tel.: +48 126161488
   E-mail: [8]info@um.krakow.pl
   Adres internetowy: [9]www.bip.krakow.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Przygotowanie do druku i druk gazetek dzielnicowych.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Kraków.
   Kod NUTS PL213
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest:
   1. przygotowanie do druku (w tym: grafika, skad, amanie, korekta)
   gazetek dzielnicowych Dzielnicy I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XII,
   XVI, XVIII,
   2. wykonanie druku (w tym: nawietlanie, zbieranie, falcowanie,
   pakowanie) gazetek dzielnicowych Dzielnicy I, II, III, IV, V, VI, VII,
   VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII (zwanych w treci w dalszej
   czci umowy gazetkami),
   zgodnie z zacznikiem nr 1 do umowy. Gazetki maj charakter biuletynów
   informacyjnych. Kada gazetka posiada odrbn specyfikacj.
   3. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
   zacznikami stanowicy zaczniki nr 1 do specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: tak
   Oferty mona skada w odniesieniu do jednej lub wicej czci
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Szacunkowa warto zamówienia na usugi w zakresie drukowania na 2016
   r. wynosi powyej 209 000 EUR. Warto przedmiotowego zamówienia wynosi
   395 476,83 z netto, w tym warto przewidywanych zamówie
   uzupeniajcych 131 825,61 PLN netto.
   Szacunkowa warto bez VAT: 94 727,26 EUR
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Okres w miesicach: 10 (od udzielenia zamówienia)
   Informacje o czciach zamówienia
   Cz nr: 1 Nazwa: Cz 1  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy I Stare Miasto
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy I Stare Miasto. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 10 234,55 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 30 703,66 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 2 Nazwa: Cz 2  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy II Grzegórzki
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy II Grzegórzki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
   wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 12 195,12 PLN, bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 36 585,37 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 3 Nazwa: Cz 3  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy III Prdnik Czerwony
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy III Prdnik Czerwony. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 21 951,22 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 65 853,66 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2018
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2018 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 4 Nazwa: Cz 4  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy IV Prdnik Biay
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy IV Prdnik Biay. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 16 260,16 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 48 780,49 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 5 Nazwa: Cz 5  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy V Krowodrza
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy V Krowodrza. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
   wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 8 540,65 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 25 621,95 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 6 Nazwa: Cz 6  Druk Gazetki Dzielnicy VI Bronowice
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy VI Bronowice.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
   zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 871,54 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 20 614,63 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 7 Nazwa: Cz 7  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy VII Zwierzyniec
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy VII Zwierzyniec. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 504.07 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 19 512,20 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 8 Nazwa: Cz 8  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy VIII Dbniki
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy VIII Dbniki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
   wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 10 162,60 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 30 487,80 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 9 Nazwa: Cz 9  Druk Gazetki Dzielnicy IX agiewniki-Borek
   Facki
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy IX agiewniki-Borek
   Facki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
   (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 5 284,55 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 15 853,66 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 10 Nazwa: Cz 10  Druk Gazetki Dzielnicy X Swoszowice
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy X Swoszowice.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
   zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 2 642,28 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 7 926,83 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 11 Nazwa: Cz 11  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 7 073,17 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 21 219,51 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 12 Nazwa: Cz 12  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XII Bieanów-Prokocim
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XII Bieanów-Prokocim. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 8 130,08 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 24 390,24 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 13 Nazwa: Cz 13  Druk Gazetki Dzielnicy XIII Podgórze
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy XIII Podgórze.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
   zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 4 065,04 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 12 195,12 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 14 Nazwa: Cz 14  Druk Gazetki Dzielnicy XV Mistrzejowice
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy XV Mistrzejowice.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
   zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 3 252,03 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 9 756,10 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 15 Nazwa: Cz 15  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XVI Bieczyce
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XVI Bieczyce. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
   wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 219,51 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 18 658,54 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Cz nr: 16 Nazwa: Cz 16  Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XVIII Nowa Huta
   1)Krótki opis
   Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
   Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
   zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
   specyfikacji.
   2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   79800000
   3)Wielko lub zakres
   Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
   zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 2 439,02 PLN bez VAT.
   Szacunkowa warto bez VAT: 7 317,07 PLN
   4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
   rozpoczcia/realizacji zamówienia
   Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
   5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
   Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
   trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
   do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
   zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Wykonawca przed upywem terminu skadania ofert zobowizany jest wnie
   wadium w wysokoci:
   cz 1  200 PLN dwiecie zotych
   cz 2  200 PLN dwiecie zotych
   cz 3  600 PLN szeset zotych
   cz 4  300 PLN trzysta zotych
   cz 5  200 PLN dwiecie zotych
   cz 6  100 PLN sto zotych
   cz 7  100 PLN sto zotych
   cz 8  200 PLN dwiecie zotych
   cz 9  100 PLN sto zotych
   cz 10  100 PLN sto zotych
   cz 11  100 PLN sto zotych
   cz 12  200 PLN dwiecie zotych
   cz 13  100 PLN sto zotych
   cz 14  100 PLN sto zotych
   cz 15  100 PLN sto zotych
   cz 16  100 PLN sto zotych
   UWAGA! Wykonawca musi wnie wadium w taki sposób, aby przed upywem
   terminu skadania ofert znajdowao si ono na rachunku zamawiajcego.
   (UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny
   podmiot, w tytule przelewu naley wyranie wskaza na rzecz jakiego
   Wykonawcy wnoszone jest wadium).
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Zapata wynagrodzenia nastpi zgodnie z zapisami wzoru umowy.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: 1. W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy, którzy
   speniaj wymogi okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
   publicznych, zwanej dalej ustaw.
   2. W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj
   wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
   Ocena speniania przez Wykonawców warunków  o których mowa w pkt
   III.2.1) ppkt 1 ogoszenia  zostanie dokonana w oparciu o dokument
   wymieniony w lit. A pkt 1) poniej, a warunku, o którym mowa w pkt
   III.2.1) ppkt 2 ogoszenia zostanie dokonana w oparciu o dokumenty
   wymienione w lit. A) pkt 2-9 poniej.
   A. Wykonawca jest zobowizany zoy w ofercie:
    w celu wykazania speniania przez wykonawc warunków, o których mowa
   w art. 22 ust. 1 ustawy:
   1) Owiadczenie Wykonawcy o spenianiu warunków udziau w postpowaniu,
   o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  wypenione i podpisane
   odpowiednio przez osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy
   [zacznik nr 3A (cz I) do specyfikacji] albo przez Penomocnika
   reprezentujcego Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia [zacznik nr 3B (cz I) do specyfikacji],
    w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu
   niespenienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
   2) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
   ust. 1 ustawy  wypenione i podpisane odpowiednio przez osoby
   upowanione do reprezentowania Wykonawcy [zacznik nr 3A (cz II) do
   specyfikacji] albo przez Penomocnika reprezentujcego Wykonawców
   wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia [zacznik nr 3B
   (cz II) do specyfikacji],
   3) Aktualny odpis z waciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i
   Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   4) Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert.
   5) Aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert.
   6) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   7) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   8) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawion nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. Uwaga!
   Jeeli w przypadku wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
   5-8, 10 i 11 ustawy Pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
   zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
   art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczeniej ni
   6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym, e w
   przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich
   zawiadcze  zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie
   zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
   samorzdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
   lub przed notariuszem.
   9) List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej, o której
   mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy albo owiadczenie, e Wykonawca nie
   naley do grupy kapitaowej  podpisane przez osoby upowanione do
   reprezentowania Wykonawcy, wedug wzoru stanowicego zacznik nr 5 do
   specyfikacji.
   10) Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunków
   udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotów, które bd bray
   udzia w realizacji czci zamówienia, przedkada take dokumenty
   dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy okrelonym w
   pkt 2) (wedug zacznika 3C do specyfikacji) i pkt 3) powyej.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   A. W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy, którzy speniaj wymogi
   okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególnoci posiadaj
   wiedz i dowiadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upywem
   terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest
   krótszy  w tym okresie naleycie wykonali co najmniej 3 usugi druku
   wydawnictw prasowych o cznej ich wartoci nie mniejszej ni 100 000
   PLN (brutto) oraz o ich cznym nakadzie nie mniejszym ni 200 000
   egzemplarzy.
   B. W celu potwierdzenia spenienia warunków, o których mowa w lit. A.
   powyej naley zoy wraz z ofert:
   1) Wykaz wykonanych gównych usug w zakresie niezbdnym do wykazania
   speniania warunku wiedzy i dowiadczenia  sporzdzony wg wzoru
   stanowicego zacznik nr 4 do specyfikacji;
   2) Dowody, e usugi o których mowa w pkt 1) powyej zostay wykonane
   naleycie: Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem na rzecz
   którego usuga wskazana w wykazie zostaa wykonana, Wykonawca nie ma
   obowizku przedkadania dowodów naleytego wykonania.
   2.1) Powiadczenia;
   Uwaga: Wykonawca w miejsce powiadcze moe zoy dokumenty (np.
   referencje) potwierdzajce naleyte wykonanie usug wskazanych w
   wykazie, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 19.2.2013
   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od
   wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane (Dz. U. z
   2013 r. poz. 231).
   2.2) Owiadczenia Wykonawcy o naleytym wykonaniu usug jeeli z
   uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
   stanie uzyska powiadczenia, o którym mowa w pkt 2.1) powyej
   3) Dowód dysponowania zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia w
   przypadku polegania na zdolnociach innych podmiotów, zgodnie z art. 26
   ust. 2b ustawy, w szczególnoci pisemne zobowizanie innych podmiotów
   do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby
   wykonania zamówienia  jeeli dotyczy. Uwaga: Jeeli wykonawca,
   wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
   tj. zgodnie z pkt 5.1. specyfikacji, polega na zasobach innych
   podmiotów na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajcy
    w celu oceny, czy wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
   podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
   oceny czy stosunek czcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
   rzeczywisty dostp do ich zasobów  da przedstawienia dokumentów
   dotyczcych:
   3.1) zakresu dostpnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   3.2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc,
   przy wykonywaniu zamówienia,
   3.3) charakteru stosunku, jaki bdzie czy wykonawc z tym podmiotem,
   3.4) zakresu i okresu udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
   zamówienia.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   OR-10.271.13.2016
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   7.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 7.3.2016 - 13:00
   Miejscowo:
   Miejscowo: Budynek Urzdu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich witych
   34, sala 306.
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: tak
   Przewidywany czas publikacji kolejnych ogosze: I kwarta 2017 r.
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   A. Dotyczy sekcji II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
   termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do:  15.12.2016 w
   czciach 1  2 i 4  16 zamówienia,  15.12.2018 w czci 3 zamówienia
   z uwzgldnieniem szczegóowych terminów okrelonych w zaczniku nr 1
   do umowy dla kadej z czci zamówienia.
   B. Oprócz dokumentów okrelonych w sekcji III.2) wykonawca ma obowizek
   zoy w ofercie:
   1) Wypeniony i podpisany przez osoby upowanione do reprezentowania
   wykonawcy Formularz oferty wedug wzoru stanowicego zacznik nr 2 do
   specyfikacji  odpowiednio dla czci, na które Wykonawca zoy ofert.
   2) Wypeniony i podpisany przez osoby upowanione do reprezentowania
   wykonawcy zacznik nr 1 do wzoru umowy  odpowiednio dla czci, na
   które Wykonawca zoy ofert.
   3) Penomocnictwo  do reprezentowania wykonawcy w postpowaniu albo do
   reprezentowania wykonawcy w postpowaniu i zawarcia umowy, jeeli osoba
   reprezentujca Wykonawc w postpowaniu o udzielenie zamówienia nie
   jest wskazana jako upowaniona do jego reprezentacji we waciwym
   rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci
   Gospodarczej.
   C. Gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji
   III.2.1. lit. A pkt 3-5 i 7 skada dokument lub dokumenty wystawione w
   kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
   odpowiednio, e:
   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci  wystawiony
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu  wystawiony nie wczeniej
   ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert.
   D. Gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji
   III.2.1. lit. A pkt 6 i 8 skada zawiadczenie waciwego organu
   sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
   osoby, której dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1
   pkt 4-8, 10 i 11 ustawy  wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed
   upywem terminu skadania ofert. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania
   osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
   zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w lit. D
   powyej, zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w
   którym okrela si take osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
   zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
   samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
   zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
   miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
   E. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia
   publicznego (np. czonkowie konsorcjum) s zobowizani ustanowi
   Penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu albo do
   reprezentowania ich w postpowaniu i do zawarcia umowy. W takim
   przypadku  oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 lit. A pkt
   3-10 oraz III.2.3 lit. B oraz sekcji VI.3 lit. B powyej  wykonawcy
   wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego s
   zobowizani do zoenia w ofercie Penomocnictwa ustanawiajcego
   Penomocnika, o którym mowa powyej. Penomocnictwo zawiera powinno
   umocowanie do reprezentowania w postpowaniu lub do reprezentowania w
   postpowaniu i zawarcia umowy. Penomocnictwo moe by przedoone
   wycznie w formie oryginau lub kopii powiadczonej przez notariusza.
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego
   skadaj:
   1. Kady z osobna dotyczce ich dokumenty wymienione w sekcji III.2.1.
   lit. A pkt 3-9;
   2. Owiadczenie Penomocnika wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
   udzielenie zamówienia  wg zacznika 3 B do specyfikacji (tj.
   owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu (art. 22 ust.
   1 ustawy Pzp) oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24
   ust. 1 ustawy Pzp);
   3. Dokumenty wskazane w sekcji III.2.3. lit. B pkt 1 i 2 skadaj ci z
   wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, którzy
   speniaj warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany
   dokument;
   4. Dokumenty, o których mowa w sekcji VI.3 lit. B pkt 1 i 2.
   5. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1 lit. A pkt 10, sekcji
   III.2.3. lit. B pkt 3, sekcji VI.3 lit.B pkt 3  jeeli dotyczy. Uwaga:
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które bd polegay na wiedzy i
   dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
   zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.
   2b ustawy Pzp), kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub
   tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginaem przez Wykonawc
   lub te podmioty.
   F. Zamawiajcy przewiduje udzielanie zamówie uzupeniajcych, zgodnie
   z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
   G. Uwaga! Zamawiajcy wykluczy z postpowania o udzielenie zamówienia
   Wykonawc, który w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania, w
   sposób zawiniony powanie naruszy obowizki zawodowe, w szczególnoci,
   gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziaania lub racego niedbalstwa
   nie wykona lub nienaleycie wykona zamówienie, co Zamawiajcy jest w
   stanie wykaza za pomoc dowolnych rodków dowodowych. Zamawiajcy nie
   wykluczy z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
   udowodni, e podj konkretne rodki techniczne, organizacyjne i
   kadrowe, które maj zapobiec zawinionemu i powanemu naruszaniu
   obowizków zawodowych w przyszoci oraz naprawi szkody powstae w
   wyniku naruszenia obowizków zawodowych lub zobowiza si do ich
   naprawienia.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [10]uzp@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587777
   Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29.1.2004 
   Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
   r., poz. 2164) czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o
   udzielenie zamówienia lub zaniechania
   czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ww.
   ustawy. Odwoanie wnosi si do Prezesa
   Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
   podpisem elektronicznym weryfikowanym
   za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od
   dnia przesania informacji o
   czynnoci Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli
   zostaa przesana faksem lub drog
   elektroniczn albo w terminie 15 dni od dnia przesania informacji o
   czynnoci Zamawiajcego stanowicej
   podstaw jego wniesienia  jeeli zostaa przesana w inny sposób lub w
   terminie 10 dni od dnia publikacji
   ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
   specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia na stronie internetowej (jeli dotyczy treci ogoszenia o
   zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia). Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu
   przed upywem terminu do
   wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
   treci przed upywem tego terminu.
   Zamawiajcy przesya niezwocznie, nie póniej ni w terminie 2 dni od
   dnia otrzymania, kopi odwoania
   innym Wykonawcom uczestniczcym w postpowaniu o udzielenie zamówienia,
   wzywajc wykonawców do
   przystpienia do postpowania odwoawczego. Wykonawca moe zgosi
   przystpienie do postpowania
   odwoawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwoania,
   wskazujc stron, do której przystpuje i interes w uzyskaniu
   rozstrzygnicia na korzy strony, do której przystpuje. Zgoszenie
   przystpienia dorcza
   si Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej
   bezpiecznym podpisem elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
   kopie przesya si Zamawiajcemu
   oraz Wykonawcy wnoszcemu odwoanie. Zamawiajcy lub odwoujcy, moe
   zgosi opozycj przeciw
   przystpieniu innego Wykonawcy nie póniej ni do czasu otwarcia
   rozprawy.
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [12]uzp@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587777
   Adres internetowy: [13]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Straßeninstandhaltungsarbeiten - DK-Otterup
Straßeninstandhaltungsarbeiten
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 28173-2016 (ID: 2016012709184167047)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  DK-Otterup: Straßeninstandhaltungsarbeiten
   2016/S 18/2016 28173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Nordfyns Kommune
   Rådhuspladsen 2
   Kontaktstelle(n): Nordfyns Kommune
   Zu Händen von: Henrik Kubel
   5450 Otterup
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 43484461
   E-Mail: [4]henrik.kubel@swecodanmark.dk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.nordfynskommune.dk
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45233141, 77310000
   Beschreibung
   Straßeninstandhaltungsarbeiten.
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 22 385 898 DKK
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   NCC Roads A/S  Vejservice
   Vestermøllevej 11
   8380 Trige
   DÄNEMARK
   Telefon: +45 86232323
   Internet-Adresse: [6]www.ncc-roads.dk
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 32 000 000 DKK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 385 898 DKK
   ohne MwSt
References
   4. mailto:henrik.kubel@swecodanmark.dk?subject=TED
   5. http://www.nordfynskommune.dk/
   6. http://www.ncc-roads.dk/
OT: 27/01/2016    S18    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede
   kontrakter - Offentligt udbud
   Danmark-Otterup: Vejvedligeholdelse
   2016/S 018-028173
   Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
   Tjenesteydelser
   Direktiv 2004/18/EF
   Del I: Ordregivende myndighed
   I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
   Nordfyns Kommune
   Rådhuspladsen 2
   Kontaktpunkt(er): Nordfyns Kommune
   Att: Henrik Kubel
   5450 Otterup
   DANMARK
   Telefon: +45 43484461
   Mailadresse: [6]henrik.kubel@swecodanmark.dk
   Internetadresse(r):
   Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
   [7]http://www.nordfynskommune.dk
   I.2)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.3)Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester
   I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
   Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders
   vegne: nej
   Del II: Kontraktens genstand
   II.1)Beskrivelse
   II.1.1)Betegnelse for kontrakten
   Udbud af græsslåning og beplantningspleje samt tømning af vejbrønde i
   Nordfyns Kommune.
   II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
   Tjenesteydelser
   NUTS-kode DK031
   II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
   II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
   Græsslåning og beplantningspleje samt tømning af vejbrønde og
   sandfangsbrønde i Nordfyns Kommune.
   II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   45233141, 77310000
   II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
   Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
   II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
   II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
   Værdi: 22 385 898 DKK
   Eksklusive moms
   Del IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Offentlig
   IV.2)Tildelingskriterier
   IV.2.1)Tildelingskriterier
   Laveste pris
   IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
   IV.3)Administrative oplysninger
   IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
   IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
   nej
   Del V: Kontrakttildeling
   V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
   16.12.2015
   V.2)Oplysninger om tilbud
   Antal modtagne bud: 4
   V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
   afgørelse om at indgå kontrakt med
   NCC Roads A/S  Vejservice
   Vestermøllevej 11
   8380 Trige
   DANMARK
   Telefon: +45 86232323
   Internetadresse: [8]www.ncc-roads.dk
   V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
   Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
   Værdi: 32 000 000 DKK
   Eksklusive moms
   Kontraktens endelige samlede værdi:
   Værdi: 22 385 898 DKK
   Eksklusive moms
   V.5)Oplysninger om underentreprise
   Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
   Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i
   underentreprise til tredjemand:
   Andel: 10 %
   Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i
   underentreprise: Tømning af rendestensbrønde.
   Del VI: Supplerende oplysninger
   VI.1)Oplysninger om EU-midler
   Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
   VI.2)Yderligere oplysninger:
   VI.3)Klageprocedurer
   VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
   Klagenævnet for Udbud
   Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   2100 København Ø
   DANMARK
   Mailadresse: [9]klfu@erst.dk
   Telefon: +45 35291000
   Internetadresse: [10]www.klfu.dk
   VI.3.2)Indgivelse af klager
   VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby
   DANMARK
   Mailadresse: [11]kfst@kfst.dk
   Telefon: +45 41715000
   Internetadresse: [12]www.kfst.dk
   VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im technischen Bereich - FR-Rouen
Dienstleistungen im technischen Bereich
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen
Diverse Brandschutzausrüstungen
Dokument Nr...: 28273-2016 (ID: 2016012709193767142)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  FR-Rouen: Dienstleistungen im technischen Bereich
   2016/S 18/2016 28273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Habitat 76
   17 rue de Malherbe, CS 72042
   Zu Händen von: M. le directeur général d'Habitat 76
   76040 Rouen Cedex 1
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71356000, 50000000, 50413200, 44480000
   Beschreibung
   Dienstleistungen im technischen Bereich.
   Reparatur- und Wartungsdienste.
   Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen.
   Diverse Brandschutzausrüstungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   ISS Hygiène et prévention
   1 rue Louis Joseph Gay Lussac, CS 71501
   76151 La Vaupalière Cedex
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 751 092,24 EUR
References
OT: 27/01/2016    S18    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Rouen: Services techniques
   2016/S 018-028273
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Habitat 76
   17 rue de Malherbe, CS 72042
   À l'attention de: M. le directeur général d'Habitat 76
   76040 Rouen Cedex 1
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Code NUTS FR232
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Maintenance et entretien multi technique incendie sur divers groupes de
   la Seine-Maritime.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   71356000, 50000000, 50413200, 44480000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 70
   2. Valeur technique et méthodologique. Pondération 30
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15017
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 189-343061 du 30.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Marché: MA15-068
   V.1)Date d'attribution du marché:
   30.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   ISS Hygiène et prévention
   1 rue Louis Joseph Gay Lussac, CS 71501
   76151 La Vaupalière Cedex
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 751 092,24 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Le présent marché a été attribué comme suit:
    montant du prix forfaitaire annuel: 116 524,50 EUR HT  montant des
   prix unitaires annuel du devis quantitatif et estimatif: 71 248,56 EUR
   HT La consultation du (des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse
   de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent
   exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
   dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce nº 15-146705, mise en ligne le 28.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Rouen
   53 avenue Gustave Flaubert
   76000 Rouen
   E-mail: [7]greffe.ta-rouen@juradm.fr
   Téléphone: +33 232081270
   Fax: +33 232081271
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Articles R
   421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de
   la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).
   Articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le
   référé précontractuel. Recours de pleine juridiction ouvert aux
   concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la
   conclusion du contrat est rendue publique).
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Trzciel
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Waldbrandbekämpfung
Dokument Nr...: 28373-2016 (ID: 2016012709203967239)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  PL-Trzciel: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
   2016/S 18/2016 28373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo
   Trzciel
   ul. wierczewskiego 18
   Zu Händen von: Sawomir Miller, Wodzimierz Rudawski
   66-320 Trzciel
   POLEN
   Telefon: +48 957428611
   E-Mail: [4]trzciel@szczecin.lasy.gov.pl
   Fax: +48 957428612
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]www.szczecin.lasy.gov.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77200000, 75251120
   Beschreibung
   Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
   Waldbrandbekämpfung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 5 671 621,63 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum: Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
   Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
   Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
   Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
   Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
   Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul Prandoty 107,
   64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
   Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
   Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
   wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 279 934,44 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Zakad Usug Lenych Silwan s.c.,Wodzimierz Nawrocki, Marian Zalewski,
   omnica 16, 64-360 Zbszy
   Zbszy
   64-360 omnica 16
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 995 480,10 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Lene: Usugi Lene Marcin Kuska, Jabonka Stara 34, 64-361
   Miedzichowo; Zakad Usug Lenych Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7,
   64-310 Lwówek. Penomocnik Konsorcjum: Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia
   7, 64-310 Lwówek
   Lwówek
   64-310 ul. 3 Stycznia 7
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 753 098,99 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
   Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
   Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
   Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
   Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
   Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul. Prandoty 107,
   64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
   Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
   Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
   wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 318 501,32 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Drwal Sp. z o.o., ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel;
   Przedstawiciel Damian Wojas
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 159 528,85 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Przedstawiciel
   Damian Wojas
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 107 621,93 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Zakad Usug Rónych LAS Stanisaw Kulak, os. Lene 2a, 64-305 Bolewice
   Bolewice
   64-305 os. Lene 2a
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 57 456 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:trzciel@szczecin.lasy.gov.pl?subject=TED
   5. http://www.szczecin.lasy.gov.pl/
OT: 27/01/2016    S18    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Trzciel: Usugi lenictwa
   2016/S 018-028373
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo
   Trzciel
   ul. wierczewskiego 18
   Osoba do kontaktów: Sawomir Miller, Wodzimierz Rudawski
   66-320 Trzciel
   POLSKA
   Tel.: +48 957428611
   E-mail: [6]trzciel@szczecin.lasy.gov.pl
   Faks: +48 957428612
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szczecin.lasy.gov.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: zarzdzajcy lasami stanowicymi wasno skarbu pastwa
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: gospodarka lena, gospodarowanie gruntami i innymi
   nieruchomociami i ruchomociami zwizanymi z gospodark len oraz
   prowadzenie ewidencji i ustalanie wartoci majtku Skarbu Pastwa w
   ramach sprawowanego zarzdu
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonywanie usug lenych w Nadlenictwie Trzciel w roku 2016.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Nadlenictwo Trzciel.
   Kod NUTS PL431
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
   okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
   jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
   zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna,
   szkókarstwa, gospodarki owieckiej i kowo-rolnej w OHZ nr 88 oraz
   ochrony przeciwpoarowej lasu w zakresie obsugi PAD Trzciel i PO
   Bukowiec w roku 2016.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   77200000, 75251120
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 5 671 621,63 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Dla pakietów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  cena usugi. Waga 80
   2. Dla pakietów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  realizacja przedmiotu
   zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
   Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   Z.270.1.1.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 216-394477 z dnia 7.11.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Bolków, Chociszewo, Czarny
   Bocian)
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   25.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum: Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
   Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
   Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
   Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
   Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
   Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul Prandoty 107,
   64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
   Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
   Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
   wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 279 934,44 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (czno, Jasieniec, Czarny
   Dwór)
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   25.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Zakad Usug Lenych Silwan s.c.,Wodzimierz Nawrocki, Marian Zalewski,
   omnica 16, 64-360 Zbszy
   Zbszy
   64-360 omnica 16
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 995 480,10 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Pakiet nr 3  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Pszczew, Policko, Borowy
   Myn)
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   15.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Lene: Usugi Lene Marcin Kuska, Jabonka Stara 34, 64-361
   Miedzichowo; Zakad Usug Lenych Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7,
   64-310 Lwówek. Penomocnik Konsorcjum: Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia
   7, 64-310 Lwówek
   Lwówek
   64-310 ul. 3 Stycznia 7
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 753 098,99 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Wyszanowo, Nowy wiat)
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   15.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
   Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
   Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
   Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
   Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
   Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul. Prandoty 107,
   64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
   Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
   Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
   wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 318 501,32 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki lenej w Szkóce Lenej Jasieniec
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   15.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Drwal Sp. z o.o., ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel;
   Przedstawiciel Damian Wojas
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 159 528,85 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6  Wykonanie usug z
   zakresu gospodarki owieckiej i kowo-rolnej w OHZ nr 88
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   15.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Przedstawiciel
   Damian Wojas
   Trzciel
   66-320 ul. wierczewskiego 17
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 107 621,93 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7  Wykonanie usug z
   zakresu ochrony przeciwpoarowej lasu w PAD Trzciel i PO Bukowiec
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   15.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Zakad Usug Rónych LAS Stanisaw Kulak, os. Lene 2a, 64-305 Bolewice
   Bolewice
   64-305 os. Lene 2a
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 57 456 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   Zamawiajcy przewiduje w stosunku do kadej czci (pakietu) moliwo
   udzielenia zamówie uzupeniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1
   pkt 6 Pzp w wysokoci nie przekraczajcej 50 % wartoci zamówienia
   podstawowego.
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Urzd Zamówie Publicznych, Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Herstellung von Pfählen - DE-Hamburg
Herstellung von Pfählen
Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
Bau von Kaimauern
Dokument Nr...: 28473-2016 (ID: 2016012709220567334)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  DE-Hamburg: Herstellung von Pfählen
   2016/S 18/2016 28473
   Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung  Versorgungssektoren
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb: nein
   Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der
   Angebote: ja
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hamburg Port Authority AöR
   Neuer Wandrahm 4
   Zu Händen von: Sandra Gasdorf
   20457 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4042847-2796
   E-Mail: [8]ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de
   Fax: +49 4042847-2612
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [9]www.hamburg-port-authority.de
   Weitere Auskünfte erteilen: Hamburg Port Authority
   Neuer Wandrahm 4
   Kontaktstelle(n): Ingenieurbüro Entwicklungsvorhaben  Projektpool
   Zu Händen von: Herrn Mann
   20457 Hamburg
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4042847-4165
   E-Mail: [10]Christian.Mann@hpa.hamburg.de
   Fax: +49 4042847-4250
   Internet-Adresse: [11]http://www.hamburg-port-authority.de
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Haupttätigkeit(en)
   Hafeneinrichtungen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
   Sanierung Burchardkai LP7.
   II.2)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.3)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
    Ersatz, Sicherung der vorhandenen Rückverankerungspfähle durch neu
   herzustellende Mikropfähle;
    Stahlwasserbauarbeiten (Kopfanschluss der neuen Mikropfähle).
   II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45262426, 45223210, 45243600
   II.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 14.3.2016
   II.6)Veranschlagte Kosten und wesentliche Finanzierungsbedingungen
   II.6.1)Ursprünglich veranschlagte Kosten
   II.6.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Geschätzter Gesamtwert der Liefer- bzw. Dienstleistungsaufträge
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   22.1.2016
   Anlage
   Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb
   oder zur Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
   Sanierung Burchardkai LP7.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Dienstleistung: Hamburg.
   NUTS-Code DE600
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
    Mikropfähle: ca. 220 Stck., L=ca. 28 m, Verpresskörper ø= 25 cm,
    ca. 220 Stck. stahlbaumäßiger Anschluss an vorhandene Tragbohlen,
    stahlbaumäßige Ertüchtigung von ca. 15 Stck. Horizontalauflagern.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.3)Sonstige besondere Bedingungen:
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
   vorbehalten: nein
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
   Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
   Dienstleistung verantwortlich sind: nein
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen
   IV.3.2)Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen:
   IV.3.3)Schlusstermin für den Eingang der Anträge auf Zusendung einer
   Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung:
   IV.3.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Interessierte Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen,
   dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne
   spätere Veröffentlichung eines Wettbewerbsaufrufs vergeben Die
   interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber zum
   jetzigen Zeitpunkt nicht ihr Interesse mitteilen. Diese Vorinformation
   dient lediglich zur Verkürzung der Fristen.
   Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt (siehe unter Punkt II.5))
   dieser Vorinformation) im Offenen Verfahren ausgeschrieben.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
References
   8. mailto:ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de?subject=TED
   9. http://www.hamburg-port-authority.de/
  10. mailto:Christian.Mann@hpa.hamburg.de?subject=TED
  11. http://www.hamburg-port-authority.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dieselöl - ES-Barcelona
Dieselöl
Dokument Nr...: 28573-2016 (ID: 2016012709232667442)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  ES-Barcelona: Dieselöl
   2016/S 18/2016 28573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
   Q0801576J
   Vergós, 44
   08017 Barcelona
   SPANIEN
   Telefon: +34 933663000
   E-Mail: [4]contractacio@fgc.cat
   Fax: +37 933663081
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.fgc.cat
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09134100
   Beschreibung
   Dieselöl.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 798 216,37 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 1
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Societat Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT)
   av. Can Sucarrats, 128, Polígono Industrial Cova Solera
   08191 Rubí (Barcelona)
   SPANIEN
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 798 216,37 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 798 216,37 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:contractacio@fgc.cat?subject=TED
   5. http://www.fgc.cat/
OT: 27/01/2016    S18    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Procedimiento abierto
   España-Barcelona: Gasoil
   2016/S 018-028573
   Anuncio de adjudicación de contrato  sectores especiales
   Directiva 2004/17/CE
   Apartado I: Entidad adjudicadora
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
   Q0801576J
   Vergós, 44
   08017 Barcelona
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 933663000
   Correo electrónico: [6]contractacio@fgc.cat
   Fax: +37 933663081
   Direcciones Internet:
   Dirección de la entidad adjudicadora: [7]http://www.fgc.cat
   I.2)Principal(es) actividad(es)
   Servicios de transporte ferroviario
   I.3)Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades
   adjudicadoras
   La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras
   entidades adjudicadoras: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Ampliación del contrato de combustible necesario para el nuevo servicio
   que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: Línia Ferroviaria Lleida-La Pobla.
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones):
   Ampliación del contrato de combustible necesario para el nuevo servicio
   que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   09134100
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 798 216,37 EUR
   IVA excluido
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al
   expediente:
   MOD/2015/05
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio sobre un sistema de clasificación
   Número de anuncio en el DOUE: [8]2014/S 027-043786 de 7.2.2014
   Otras publicaciones anteriores
   Número de anuncio en el DOUE: [9]2014/S 108-190809 de 6.6.2014
   Número de anuncio en el DOUE: [10]2015/S 118-215942 de 20.6.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   V.1)Adjudicación y valor del contrato
   Contrato Nº: 1
   Denominación: Ampliación del contrato de combustible necesario para el
   nuevo servicio que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla
   V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   15.1.2016
   V.1.2)Información sobre las ofertas
   V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Societat Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT)
   av. Can Sucarrats, 128, Polígono Industrial Cova Solera
   08191 Rubí (Barcelona)
   ESPAÑA
   V.1.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 798 216,37 EUR
   IVA excluido
   Valor total final del contrato:
   Valor: 798 216,37 EUR
   IVA excluido
   Si se trata del valor anual o mensual:
   Número de años: 1
   V.1.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
   Via Laietana, 12 (Edificio Princesa)
   08003 Barcelona
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 935676300
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Lokomotiven - ES-Madrid
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Dokument Nr...: 28673-2016 (ID: 2016012709242467539)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  ES-Madrid: Reparatur und Wartung von Lokomotiven
   2016/S 18/2016 28673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.  G. Área de Control de Gestión
   y Compras  D. General de Renfe Fabricación y Mto.
   A86868239
   Antonio Cabezón, s/n
   28034 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: 913009944
   E-Mail: [4]jacorral@renfe.es
   Fax: 913009715
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.renfe.com
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50221000, 50222000
   Beschreibung
   Reparatur und Wartung von Lokomotiven.
   Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 641 387,50 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 001
   Los-Nr: 004
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Actren Mantenimiento Ferrovia, S.A.
   c/ Padilla, 17
   28006 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: 000000915010396
   E-Mail: [7]MABUSTAMANTE@ACTREN.NET
   Fax: 000000910085191
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 76 934 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 002
   Los-Nr: 123
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Desarrollos Tec Avanzada, S.L.U.
   c/ Padilla, 17
   28006 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: 000000915598354
   E-Mail: [8]gcardenal@dtalimitada.com
   Fax: 000000915477334
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 564 453,50 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:jacorral@renfe.es?subject=TED
   5. http://www.renfe.com/
   6. http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
   7. mailto:MABUSTAMANTE@ACTREN.NET?subject=TED
   8. mailto:gcardenal@dtalimitada.com?subject=TED
OT: 27/01/2016    S18    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
   España-Madrid: Servicios de reparación y mantenimiento de locomotoras
   2016/S 018-028673
   Anuncio de adjudicación de contrato  sectores especiales
   Directiva 2004/17/CE
   Apartado I: Entidad adjudicadora
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A.  G. Área de Control de Gestión
   y Compras  D. General de Renfe Fabricación y Mto.
   A86868239
   Antonio Cabezón, s/n
   28034 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: 913009944
   Correo electrónico: [6]jacorral@renfe.es
   Fax: 913009715
   Direcciones Internet:
   Dirección de la entidad adjudicadora: [7]http://www.renfe.com
   Dirección del perfil de comprador:
   [8]http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
   I.2)Principal(es) actividad(es)
   Servicios de transporte ferroviario
   I.3)Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades
   adjudicadoras
   La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras
   entidades adjudicadoras: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Actividades complementarias al mantenimiento para realización de
   pruebas y trabajos eléctricos e interiorismo en BMI Valladolid.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Servicios
   Categoría de servicio nº 1: Servicios de mantenimiento y reparación
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: Valladolid
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones):
   Actividades complementarias al mantenimiento para realización de
   pruebas y trabajos eléctricos e interiorismo en vehículos ferroviarios
   de Base Mantenimiento Integral de Valladolid.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   50221000, 50222000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 641 387,50 EUR
   IVA excluido
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
   licitación
   Contratos que se adjudiquen en virtud de un acuerdo marco con arreglo a
   la presente Directiva: sí
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   La oferta económicamente más ventajosa
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se realizará una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al
   expediente:
   2015-02059
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   no
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   V.1)Adjudicación y valor del contrato
   Contrato Nº: 001
   Lote Nº: 004 - Denominación: Actividades complementarias al
   mantenimiento para realización de pruebas y trabajos eléctricos e
   interiorismo en BMI V
   V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   27.10.2015
   V.1.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Actren Mantenimiento Ferrovia, S.A.
   c/ Padilla, 17
   28006 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: 000000915010396
   Correo electrónico: [9]MABUSTAMANTE@ACTREN.NET
   Fax: 000000910085191
   V.1.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total final del contrato:
   Valor: 76 934 EUR
   IVA excluido
   V.1.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
   V.1)Adjudicación y valor del contrato
   Contrato Nº: 002
   Lote Nº: 123 - Denominación: Actividades complementarias al
   mantenimiento para realización de pruebas y trabajos eléctricos e
   interiorismo en BMI V
   V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   27.10.2015
   V.1.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Desarrollos Tec Avanzada, S.L.U.
   c/ Padilla, 17
   28006 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: 000000915598354
   Correo electrónico: [10]gcardenal@dtalimitada.com
   Fax: 000000915477334
   V.1.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total final del contrato:
   Valor: 564 453,50 EUR
   IVA excluido
   V.1.5)Información sobre la subcontratación
   Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
   V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.2)Información adicional:
   La presente licitación se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
   sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
   energía, los transportes y los servicios postales, y respecto a las
   materias a que expresamente se remite el presente anuncio por la
   Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 (Rev. 01), de 30.10.2013, por
   la que se aprueban las Instrucciones por las que se regulan los
   Procedimientos de Contratación de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.
   A. la cual se encuentra a disposición de los interesados en el Perfil
   del Contratante: [11]www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
   av. General Perón 38, planta 8
   28020 Madrid
   ESPAÑA
   Correo electrónico: [12]TRIBUNAL_RECURSOS.CONTRATOS@MINHAP.ES
   Teléfono: 91 349 14 46/47/51
   Fax: 91 349 14 41
   VI.3.2)Presentación de recursos
   Indíquense los plazos de presentación de recursos: 15 días hábiles
   (artículo 104 de la Ley 31/2007).
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßentransport/-beförderung - FR-Bénesse-Maremne
Straßentransport/-beförderung
Dokument Nr...: 2873-2016 (ID: 2016010609082740228)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  FR-Bénesse-Maremne: Straßentransport/-beförderung
   2016/S 3/2016 2873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Sitcom Côte Sud des Landes
   62 chemin du Bayonnais
   Zu Händen von: M. le président
   40230 Bénesse-Maremne
   FRANKREICH
   Telefon: +33 558720394
   E-Mail: [4]contact@sitcom40.fr
   Fax: +33 558724757
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.sitcom40.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://www.marchespublics.landespublic.org
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60100000
   Beschreibung
   Straßentransport/-beförderung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 17:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:contact@sitcom40.fr?subject=TED
   5. http://www.sitcom40.fr/
   6. http://www.marchespublics.landespublic.org/
OT: 06/01/2016    S3    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   France-Bénesse-Maremne: Services de transport routier
   2016/S 003-002873
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Sitcom Côte Sud des Landes
   62 chemin du Bayonnais
   À l'attention de: M. le président
   40230 Bénesse-Maremne
   FRANCE
   Téléphone: +33 558720394
   E-mail: [6]contact@sitcom40.fr
   Fax: +33 558724757
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.sitcom40.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]http://www.marchespublics.landespublic.org
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Environnement
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Prestations de transport et stockage des REFIOM de l'unité de
   valorisation énergétique (Uve) de Bénesse Maremne.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 2: Services de transports terrestres [2] , y
   compris les services de véhicules blindés et les services de courrier,
   à l'exclusion des transports de courrier
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Prestations de transport et stockage des REFIOM de l'unité de
   valorisation énergétique (Uve) de Bénesse Maremne.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60100000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   A titre indicatif: données constructeur: 2600 tonnes par an.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Voir le règlement de consultation.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Budget propre  paiement par mandat administratif à 30 jours.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Voir le règlement de consultation.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Voir le règlement de consultation.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Voir le règlement de consultation.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Voir le règlement de consultation.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   16-002
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   22.2.2016 - 17:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.3)Informations complémentaires
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Pau
   cours Lyautey
   64010 Pau
   E-mail: [9]greffe.ta-pau@juradm.fr
   Téléphone: +33 559849440
   Fax: +33 559024993
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Pau
   cours Lyautey
   64010 Pau
   E-mail: [10]greffe.ta-pau@juradm.fr
   Téléphone: +33 559849440
   Fax: +33 559024993
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von Gaszählern - CH-Basel
Installation von Gaszählern
Zähler
Elektronische Messgeräte
Dokument Nr...: 28773-2016 (ID: 2016012709254767625)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  CH-Basel: Installation von Gaszählern
   2016/S 18/2016 28773
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale
   Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   Weitere Auskünfte erteilen: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons
   Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
   Internet-Adresse:
   [6]http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bau- und
   Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
   öffentliche Beschaffungen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   IWB, Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Zählerlager der IWB, Neuhausstraße 31, 4057 Basel.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Gegenstand der Beschaffung sind rund 130 Stück Großgaszähler der
   Dimensionen G65 bis G2500 und rund 105 Stück Zustands-Mengenumwerter.
   Optional werden pro zusätzliches Jahr jeweils rund 45 Stück
   Großgaszähler der Dimensionen G65 bis G2500 und jeweils rund 35 Stück
   Zustands-Mengenumwerter angefragt. Auch gehören die benötigten Hard-
   und Software mit den entsprechenden Berechtigungen für die
   Parametrierung sowie Eichung der Geräte zum Gegenstand der Beschaffung.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45333200, 38550000, 38552000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Sind nicht zugelassen.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:-
   Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen  Vorlage
   einer Haftpflichtversicherung  Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung 
   Akzeptanz des Vertragsentwurfs  Nachweis eines
   Qualitätssicherungssystems  Vorlage Betreibungsregisterauszug 
   Bestätigung der Steuerbehörden  Bestätigung der Ausgleichskasse 
   Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU  Bestätigung Pensionskasse  Bestätigung
   Krankentaggeldversicherung  Einhaltung der zwingenden technischen
   Spezifikationen (muss-Kriterien) in den weiteren
   Ausschreibungsunterlagen Die detaillierten Vorgaben der
   Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren
   Ausschreibungsunterlagen.
   Subunternehmer: sind nicht zugelassen.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Eignungskriterien: gemäß Kapitel 3.8.
   Geforderte Nachweise: Der Anbieter weist nach, in den letzten 5 Jahren
   über mindestens zwei ausgeführten vergleichbaren Referenzaufträgen zu
   verfügen, welche bezüglich Leistungsart und Leistungsumfang
   (Großgaszähler zusammen mit Mengenumwerter) mit der ausgeschriebenen
   Submission vergleichbar sind.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Angebotspreis
   2. Technische Beurteilung
   3. Referenzen
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
   Angebote)
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Teilangebote sind nicht zugelassen.
   Kantonsblatt Basel-Stadt 06/2016; [7]www.kantonsblatt.ch
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von 10
   Tagen, vom Publikationsdatum dieser Ausgabe des Kantonsblattes an
   gerechnet, beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051
   Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
   einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene
   Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
   bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
   Liefertermin / Bemerkungen: .
   Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt
   im verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift Angebot: IWB,
   Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter einzureichen und müssen
   spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei der
   Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen des Bau- und
   Verkehrsdepartementes vorliegen. Die Angebote können per Post an die
   Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen geschickt (Datum des
   Poststempels nicht maßgebend) oder werktags von 8:00-12:15 Uhr und
   13:15-17:00 Uhr (Freitags bis 16:00 Uhr) im Kundenzentrum des Bau- und
   Verkehrsdepartementes im Erdgeschoss abgegeben werden. Anbietende sind
   berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der
   Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im Erdgeschoss anwesend zu sein.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 23.1.2016, Dok. 897041.
   Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 5.2.2016.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   23.1.2016
References
   6. http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
   7. http://www.kantonsblatt.ch/
OT: 27/01/2016    S18    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes
   Verfahren
   die Schweiz-Basel: Installation von Gaszählern
   2016/S 018-028773
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale
   Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   Weitere Auskünfte erteilen: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons
   Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
   Internet-Adresse:
   [6]http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bau- und
   Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
   öffentliche Beschaffungen
   Münsterplatz 11
   4001 Basel
   SCHWEIZ
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   IWB, Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Zählerlager der IWB, Neuhausstraße 31, 4057 Basel.
   NUTS-Code
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Gegenstand der Beschaffung sind rund 130 Stück Großgaszähler der
   Dimensionen G65 bis G2500 und rund 105 Stück Zustands-Mengenumwerter.
   Optional werden pro zusätzliches Jahr jeweils rund 45 Stück
   Großgaszähler der Dimensionen G65 bis G2500 und jeweils rund 35 Stück
   Zustands-Mengenumwerter angefragt. Auch gehören die benötigten Hard-
   und Software mit den entsprechenden Berechtigungen für die
   Parametrierung sowie Eichung der Geräte zum Gegenstand der Beschaffung.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45333200, 38550000, 38552000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Sind nicht zugelassen.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:-
   Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen  Vorlage
   einer Haftpflichtversicherung  Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung 
   Akzeptanz des Vertragsentwurfs  Nachweis eines
   Qualitätssicherungssystems  Vorlage Betreibungsregisterauszug 
   Bestätigung der Steuerbehörden  Bestätigung der Ausgleichskasse 
   Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU  Bestätigung Pensionskasse  Bestätigung
   Krankentaggeldversicherung  Einhaltung der zwingenden technischen
   Spezifikationen (muss-Kriterien) in den weiteren
   Ausschreibungsunterlagen Die detaillierten Vorgaben der
   Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren
   Ausschreibungsunterlagen.
   Subunternehmer: sind nicht zugelassen.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Eignungskriterien: gemäß Kapitel 3.8.
   Geforderte Nachweise: Der Anbieter weist nach, in den letzten 5 Jahren
   über mindestens zwei ausgeführten vergleichbaren Referenzaufträgen zu
   verfügen, welche bezüglich Leistungsart und Leistungsumfang
   (Großgaszähler zusammen mit Mengenumwerter) mit der ausgeschriebenen
   Submission vergleichbar sind.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Angebotspreis
   2. Technische Beurteilung
   3. Referenzen
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
   Angebote)
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Teilangebote sind nicht zugelassen.
   Kantonsblatt Basel-Stadt 06/2016; [7]www.kantonsblatt.ch
   Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von 10
   Tagen, vom Publikationsdatum dieser Ausgabe des Kantonsblattes an
   gerechnet, beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051
   Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
   einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene
   Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
   bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
   Liefertermin / Bemerkungen: .
   Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt
   im verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift Angebot: IWB,
   Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter einzureichen und müssen
   spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei der
   Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen des Bau- und
   Verkehrsdepartementes vorliegen. Die Angebote können per Post an die
   Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen geschickt (Datum des
   Poststempels nicht maßgebend) oder werktags von 8:00-12:15 Uhr und
   13:15-17:00 Uhr (Freitags bis 16:00 Uhr) im Kundenzentrum des Bau- und
   Verkehrsdepartementes im Erdgeschoss abgegeben werden. Anbietende sind
   berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der
   Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im Erdgeschoss anwesend zu sein.
   Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 23.1.2016, Dok. 897041.
   Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 5.2.2016.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   23.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schleusen - DE-Heidelberg
Schleusen
Schleusentore
Bauarbeiten
Wasserbauarbeiten
Bau von Kanalschleusen
Überholungs- und Sanierungsarbeiten
Doppelböden
Installation von Elektroanlagen
Stromversorgungsanlagen
Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
Dokument Nr...: 28873-2016 (ID: 2016012809013067842)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  DE-Heidelberg: Schleusen
   2016/S 19/2016 28873
   Amt für Neckarausbau Heidelberg, Vangerowstraße 20, -Vergabestelle-,
   Heidelberg 69115, DEUTSCHLAND. Telefon: +49 6221507401. Fax: +49
   6221507455. E-Mail: vergabestelle.anh@wsv.bund.de
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 25.11.2015, [1]2015/S
   228-414409)
   Betr.:
   CPV:44212390, 44212383, 45000000, 45240000, 45248100, 45453000,
   44112220, 45311000, 45315300, 45316000
   Schleusen
   Schleusentore
   Bauarbeiten
   Wasserbauarbeiten
   Bau von Kanalschleusen
   Überholungs- und Sanierungsarbeiten
   Doppelböden
   Installation von Elektroanlagen
   Stromversorgungsanlagen
   Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
   Anstatt:
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   28.1.2016 (10:00)
   IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote:
   28.1.2016 (10:00)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   2.2.2016 (10:00)
   IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote:
   2.2.2016 (10:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414409-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Türen - DE-Darmstadt
Türen
Einbau von Türen
Dokument Nr...: 28973-2016 (ID: 2016012809022567932)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  DE-Darmstadt: Türen
   2016/S 19/2016 28973
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Klinikum Darmstadt GmbH
   Grafenstraße 9
   Zu Händen von: Herrn Altunok
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61511075329
   E-Mail: [6]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
   Fax: +49 61511075149
   Weitere Auskünfte erteilen: Klinikum Darmstadt GmbH
   Grafenstr. 9
   Zu Händen von: Herrn Altunok
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61511075329
   E-Mail: [7]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
   Fax: +49 61511075149
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Klinikum Darmstadt GmbH
   Grafenstr. 9
   Zu Händen von: Herrn Altunok
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61511075329
   E-Mail: [8]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
   Fax: +49 61511075149
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Klinikum Darmstadt
   GmbH
   Grafenstr. 9
   Zu Händen von: Herrn Altunok
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61511075329
   E-Mail: [9]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
   Fax: +49 61511075149
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: GmbH
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Holzinnentüren und Zargen BT3.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Grafenstrasse 9, 64283 Darmstadt.
   NUTS-Code DE711
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Ausführungsumfang:
   ca. 310 St. 1-flg. Holzinnentüren mit Stahl-Umfassungszargen mit und
   ohne Schallschutzanforderungen;
   ca. 95 St. 1-flg. Holzinnentüren mit Rauchschutz- und
   Brandschutzanforderungen;
   ca. 19 St. 1-flg. Ganzglastüren;
   ca. 42 St. 1-flg. Schiebetüren, zum Teil mit Feuchtraumanforderungen.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44221200, 45421131
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 18.7.2016. Abschluss 9.6.2017
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Angaben gem. § 6 Nr. 3 Abs.
   (1) VOB/A: a) Umsatz in den. letzten 3 Geschäftsjahren, Beschäftigte
   gegliedert nach Berufsgruppen; Referenzen; Bescheinigung in
   Steuersachen; Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
   anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
   zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
   und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   BT3-09
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 9.3.2016 - 23:59
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   16.3.2016 - 10:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 4.5.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 16.3.2016 - 10:00
   Ort:
   Gebäude 90, Kasinostraße 11, 3. OG, Sitzungszimmer Abteilung Bau.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
   und ihre Bevollmächtigte.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Kostenfreier Download der Unterlagen auf:
   [10]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=CBV7IB8PMLO
   B0U5Q
   Nachr. HAD-Ref.: 5102/116
   Nachr. V-Nr/AKZ: BT3-09.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3, Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
   wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
   ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
   Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
   Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
   GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   25.1.2016
References
   6. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
   7. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
   8. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
   9. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
  10. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=CBV7IB8PMLOB0U5Q
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör - HU-Budapest
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
Schutz- und Sicherheitskleidung
Dokument Nr...: 29073-2016 (ID: 2016012809041668036)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  HU-Budapest: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
   2016/S 19/2016 29073
   MÁV Szolgáltató Központ Zrt., AK18003, Könyves Kálmán krt. 5460., Zu
   Händen von: Huszár Tamás, Budapest 1087, UNGARN. Telefon: +36
   302052663. Fax: +36 15118534. E-Mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.10.2015, [1]2015/S
   212-384984)
   Betr.:
   CPV:18100000
   Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
   Anstatt:
   II.2.1) Teljes mennyiség:
   A keretszerzdés 484 707 549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.
   Ebbl Ajánlatkérk 372 851 961,- Ft + ÁFA összeg erejéig vállalnak
   lehívási kötelezettséget.
   A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549,- FT + ÁFA) az elzetes
   igényfelmérések alapján  elre láthatólag az alábbi felsorolt
   termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
   lehívásával merül ki:
   1. Részajánlat
   Hosszú pamut alsónadrág 17 544 db
   Téli védkabát 10 422 db
   Téli védnadrág 5 916 db
   Munkáskabát sötétkék 24 200 db
   Munkásnadrág sötétkék 41 969 db
   Munkás dzseki sötétkék 17 718 db
   Melles nadrág sötétkék 26 827 db
   Férfi munkaköpeny 266 db
   Ni munkaköpeny rövid ujjú 48 db
   Ni munkaköpeny ¾-es ujjú 437 db
   Téliesített munkássapka 2 570 db
   Nyári munkássapka 2 069 db
   Jégering 328 db
   2. Részajánlat
   Vágásbiztos védkabát 353 db
   Vágásbiztos védnadrág 468 db
   Vágásbiztos derekas nadrág 8 db
   3. Részajánlat
   Savvéd dzseki 800 db
   Savvéd melles-nadrág 923 db
   Mindösszesen 152 867 db
   Ajánlatkérk felhívják Ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
   mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
   kötelezettség Ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
   III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
   M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
   és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
   alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
   mintapéldányát és alapanyagvágat-mintáját.
   Valamennyi mintapéldányból 1-1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
   ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50, és
   jégering esetén 176/50, téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
   ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat-minta
   anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
   eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
   ()
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
   ()
   M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki,
   melles-nadrág, téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári
   munkássapka)
   Hosszú pamut alsó és jégering:
   Összetétel: min. 70 % pamut
   Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
   ujjú munkaköpeny)
   Összetétel: min. 33 % pamut v. viszkóz
   Területi srség: min. 160 g/m2
   M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
   téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
   esetén) színkövetelménye: ()
   A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
   1. munkáskabát (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   3. munkásdzseki (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   4. mellesnadrág (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
   6. jégering: 1-es kategória;
   7. téli védkabát (sötétkék) rávasalt emblémával, steppelt béléssel,
   kivehet mszrme béléssel: 1-es kategória;
   8. téli védnadrág: 1-es kategória;
   9. téli munkássapka: 1-es kategória;
   10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
   11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
   védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
   12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd mellesnadrág rávasalt
   emblémával): 2-es kategória.
   IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
   beszerzésének feltételei:
   20.1.2016 (10:00)
   IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
   20.1.2016 (10:00)
   VI.3) További információk:
   5. 20.1.2016 (10:00)
   12. 20.1.2016 (10:00)
   24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg 
   térítésmentesen  termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
   mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
   mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek  nyertes termékek
   mintapéldányainak kivételével  visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
   képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
   szerinti modell-leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
   176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégering esetén
   176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
   ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
   IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
   20.1.2016 (10:00)
   muss es heißen:
   II.2.1) Teljes mennyiség:
   A keretszerzdés 484 707 549 HUF + áfa összegben kerül megkötésre.
   Ebbl ajánlatkérk 372 851 961 HUF + áfa összeg erejéig vállalnak
   lehívási kötelezettséget.
   A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549 HUF + áfa) az elzetes
   igényfelmérések alapján  elre láthatólag az alábbi felsorolt
   termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
   lehívásával merül ki:
   1. részajánlat:
    hosszú pamut alsónadrág, 17 544 db,
    téli védkabát kivehet steppelt béléssel, 10 422 db,
    téli védnadrág, 5 916 db,
    munkáskabát (sötétkék), 24 200 db,
    munkásnadrág (sötétkék), 41 969 db,
    munkásdzseki (sötétkék), 17 718 db,
    melles nadrág (sötétkék), 26 827 db,
    férfi munkaköpeny, 266 db,
    ni munkaköpeny, rövid ujjú, 48 db,
    ni munkaköpeny, ¾-es ujjú, 437 db,
    téliesített munkássapka, 2 570 db,
    nyári munkássapka, 2 069 db,
    jégerpóló, 328 db;
   2. részajánlat:
    vágásbiztos védkabát, 353 db,
    vágásbiztos védnadrág, 468 db,
    vágásbiztos derekas nadrág, 8 db;
   3. részajánlat:
    savvéd dzseki, 800 db,
    savvéd melles nadrág, 923 db.
   Mindösszesen 52 867 db.
   Ajánlatkérk felhívják ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
   mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
   kötelezettség ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
   III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
   M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
   és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
   alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
   mintapéldányát és alapanyagvágat mintáját.
   Valamennyi mintapéldányból 1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
   ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50,
   jégerpóló esetén 176/50,téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
   ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat minta
   anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
   eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
   ()
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
   ()
   M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, melles
   nadrág, téli védkabát kivehet steppelt béléssel, téli védnadrág,
   téli munkássapka, nyári munkássapka)
   Hosszú pamut alsó és jégerpóló:
    összetétel: min. 70 % pamut.
   Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
   ujjú munkaköpeny):
    összetétel: min. 33 % pamut,
    területi srség: min. 160 g/m².
   M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
   téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
   esetén) színkövetelménye: ()
   M/3. A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
   1. munkáskabát (sötétkék): 1-es kategória;
   2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   3. munkásdzseki (sötétkék): 1-es kategória;
   4. melles nadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
   6. jégerpóló: 1-es kategória;
   7. téli védkabát (sötétkék) kivehet steppelt béléssel: 1-es
   kategória;
   8. téli védnadrág: 1-es kategória;
   9. téliesített munkássapka: 1-es kategória;
   10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
   11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
   védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
   12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd melles nadrág rávasalt
   emblémával): 2-es kategória.
   IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
   beszerzésének feltételei:
   25.2.2016 (10:00)
   IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
   25.2.2016 (10:00)
   VI.3) További információk:
   5. 25.2.2016, 10:00 óra
   12. 25.2.2016., 10:00 óra
   24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg 
   térítésmentesen  termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
   mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
   mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek  nyertes termékek
   mintapéldányainak kivételével  visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
   képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
   szerinti modell leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
   176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégerpóló esetén
   176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
   ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
   IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
   25.2.2016 (10:00)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Az ajánlati dokumentáció módosuló pontjai a következk:
    Útmutató az ajánlattevk részére,
    Az ajánlat szakmai követelményei,
    Mszaki termékleírások,
    Nyilatkozatminták,
    Iratjegyzék.
   Ajánlatkér gazdasági szerepltl érkezett kiegészít tájékoztatás
   kérésére hivatkozva, a Kbt. 45. § (3), valamint (4) bekezdésének
   figyelembe vételével az ajánlattételi határidt a Kbt. 45. §(4)
   bekezdésében foglaltak alapján 5.2.2016-re meghosszabbította.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384984-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 28/01/2016    S19    - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt
   eljárás
   Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és
   kiegészítk
   2016/S 019-029073
   MÁV Szolgáltató Központ Zrt., AK18003, Könyves Kálmán krt. 5460.,
   Címzett: Huszár Tamás, Budapest 1087, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36
   302052663. Fax: +36 15118534. E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
   (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, [1]2015/S
   212-384984)
   Tárgy:
   CPV:18100000
   Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítk
   A következ helyett:
   II.2.1) Teljes mennyiség:
   A keretszerzdés 484 707 549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.
   Ebbl Ajánlatkérk 372 851 961,- Ft + ÁFA összeg erejéig vállalnak
   lehívási kötelezettséget.
   A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549,- FT + ÁFA) az elzetes
   igényfelmérések alapján  elre láthatólag az alábbi felsorolt
   termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
   lehívásával merül ki:
   1. Részajánlat
   Hosszú pamut alsónadrág 17 544 db
   Téli védkabát 10 422 db
   Téli védnadrág 5 916 db
   Munkáskabát sötétkék 24 200 db
   Munkásnadrág sötétkék 41 969 db
   Munkás dzseki sötétkék 17 718 db
   Melles nadrág sötétkék 26 827 db
   Férfi munkaköpeny 266 db
   Ni munkaköpeny rövid ujjú 48 db
   Ni munkaköpeny ¾-es ujjú 437 db
   Téliesített munkássapka 2 570 db
   Nyári munkássapka 2 069 db
   Jégering 328 db
   2. Részajánlat
   Vágásbiztos védkabát 353 db
   Vágásbiztos védnadrág 468 db
   Vágásbiztos derekas nadrág 8 db
   3. Részajánlat
   Savvéd dzseki 800 db
   Savvéd melles-nadrág 923 db
   Mindösszesen 152 867 db
   Ajánlatkérk felhívják Ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
   mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
   kötelezettség Ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
   III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
   M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
   és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
   alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
   mintapéldányát és alapanyagvágat-mintáját.
   Valamennyi mintapéldányból 1-1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
   ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50, és
   jégering esetén 176/50, téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
   ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat-minta
   anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
   eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
   ()
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
   ()
   M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki,
   melles-nadrág, téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári
   munkássapka)
   Hosszú pamut alsó és jégering:
   Összetétel: min. 70 % pamut
   Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
   ujjú munkaköpeny)
   Összetétel: min. 33 % pamut v. viszkóz
   Területi srség: min. 160 g/m2
   M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
   téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
   esetén) színkövetelménye: ()
   A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
   1. munkáskabát (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   3. munkásdzseki (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   4. mellesnadrág (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
   5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
   6. jégering: 1-es kategória;
   7. téli védkabát (sötétkék) rávasalt emblémával, steppelt béléssel,
   kivehet mszrme béléssel: 1-es kategória;
   8. téli védnadrág: 1-es kategória;
   9. téli munkássapka: 1-es kategória;
   10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
   11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
   védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
   12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd mellesnadrág rávasalt
   emblémával): 2-es kategória.
   IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
   beszerzésének feltételei:
   20.1.2016 (10:00)
   IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
   20.1.2016 (10:00)
   VI.3) További információk:
   5. 20.1.2016 (10:00)
   12. 20.1.2016 (10:00)
   24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg 
   térítésmentesen  termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
   mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
   mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek  nyertes termékek
   mintapéldányainak kivételével  visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
   képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
   szerinti modell-leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
   176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégering esetén
   176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
   ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
   IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
   20.1.2016 (10:00)
   Helyesen:
   II.2.1) Teljes mennyiség:
   A keretszerzdés 484 707 549 HUF + áfa összegben kerül megkötésre.
   Ebbl ajánlatkérk 372 851 961 HUF + áfa összeg erejéig vállalnak
   lehívási kötelezettséget.
   A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549 HUF + áfa) az elzetes
   igényfelmérések alapján  elre láthatólag az alábbi felsorolt
   termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
   lehívásával merül ki:
   1. részajánlat:
    hosszú pamut alsónadrág, 17 544 db,
    téli védkabát kivehet steppelt béléssel, 10 422 db,
    téli védnadrág, 5 916 db,
    munkáskabát (sötétkék), 24 200 db,
    munkásnadrág (sötétkék), 41 969 db,
    munkásdzseki (sötétkék), 17 718 db,
    melles nadrág (sötétkék), 26 827 db,
    férfi munkaköpeny, 266 db,
    ni munkaköpeny, rövid ujjú, 48 db,
    ni munkaköpeny, ¾-es ujjú, 437 db,
    téliesített munkássapka, 2 570 db,
    nyári munkássapka, 2 069 db,
    jégerpóló, 328 db;
   2. részajánlat:
    vágásbiztos védkabát, 353 db,
    vágásbiztos védnadrág, 468 db,
    vágásbiztos derekas nadrág, 8 db;
   3. részajánlat:
    savvéd dzseki, 800 db,
    savvéd melles nadrág, 923 db.
   Mindösszesen 52 867 db.
   Ajánlatkérk felhívják ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
   mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
   kötelezettség ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
   III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
   M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
   és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
   alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
   mintapéldányát és alapanyagvágat mintáját.
   Valamennyi mintapéldányból 1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
   ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50,
   jégerpóló esetén 176/50,téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
   ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat minta
   anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
   eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
   ()
   Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
   ()
   M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, melles
   nadrág, téli védkabát kivehet steppelt béléssel, téli védnadrág,
   téli munkássapka, nyári munkássapka)
   Hosszú pamut alsó és jégerpóló:
    összetétel: min. 70 % pamut.
   Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
   ujjú munkaköpeny):
    összetétel: min. 33 % pamut,
    területi srség: min. 160 g/m².
   M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
   téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
   esetén) színkövetelménye: ()
   M/3. A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
   1. munkáskabát (sötétkék): 1-es kategória;
   2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   3. munkásdzseki (sötétkék): 1-es kategória;
   4. melles nadrág (sötétkék): 1-es kategória;
   5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
   6. jégerpóló: 1-es kategória;
   7. téli védkabát (sötétkék) kivehet steppelt béléssel: 1-es
   kategória;
   8. téli védnadrág: 1-es kategória;
   9. téliesített munkássapka: 1-es kategória;
   10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
   11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
   védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
   12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd melles nadrág rávasalt
   emblémával): 2-es kategória.
   IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
   beszerzésének feltételei:
   25.2.2016 (10:00)
   IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
   25.2.2016 (10:00)
   VI.3) További információk:
   5. 25.2.2016, 10:00 óra
   12. 25.2.2016., 10:00 óra
   24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg 
   térítésmentesen  termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
   mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
   mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek  nyertes termékek
   mintapéldányainak kivételével  visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
   képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
   szerinti modell leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
   176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégerpóló esetén
   176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
   ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
   IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
   25.2.2016 (10:00)
   További információk
   Az ajánlati dokumentáció módosuló pontjai a következk:
    Útmutató az ajánlattevk részére,
    Az ajánlat szakmai követelményei,
    Mszaki termékleírások,
    Nyilatkozatminták,
    Iratjegyzék.
   Ajánlatkér gazdasági szerepltl érkezett kiegészít tájékoztatás
   kérésére hivatkozva, a Kbt. 45. § (3), valamint (4) bekezdésének
   figyelembe vételével az ajánlattételi határidt a Kbt. 45. §(4)
   bekezdésében foglaltak alapján 5.2.2016-re meghosszabbította.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - FI-Savonlinna
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 29173-2016 (ID: 2016012809060568155)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FI-Savonlinna: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
   2016/S 19/2016 29173
   Vorinformation
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Savonlinnan kaupunki
   Olavinkatu 27
   FI-57130 Savonlinna
   FINNLAND
   Telefon: +358 444174982
   E-Mail: [3]pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15000000
   Beschreibung
   Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse .
References
   3. mailto:pirjo.rossilahti@savonlinna.fi?subject=TED
OT: 28/01/2016    S19    - - Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman
   tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta
   Suomi-Savonlinna: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
   2016/S 019-029173
   Ennakkotietoilmoitus
   Tavarahankinnat
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Savonlinnan kaupunki
   Olavinkatu 27
   FI-57130 Savonlinna
   SUOMI
   Puhelin: +358 444174982
   Sähköpostiosoite: [5]pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   II.B kohta: Hankintasopimuksen kohde (Tavarahankinnat tai palvelut)
   II.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
   Tukkukauppatuotteet.
   II.2)Sopimuksen tyyppi ja toimitus- tai suorituspaikka
   Tavarahankinnat
   NUTS-koodi FI131
   II.3)Tietoa puitejärjestelystä
   II.4)Lyhyt kuvaus tavarahankintojen tai palvelujen luonteesta ja
   määrästä tai arvosta:
   Hankinnan kohteena ovat tukkukauppatuotteet Savonlinnan kaupungin
   seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioille 1.1.2017 alkaen.
   Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
   -toimittajaportaalista. Suora linkki tämän ilmoituksen tietoihin löytyy
   Hilma-ilmoituksen lopusta:
   [6]https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna/?id=52250&tpk=378cb34a-3c97-43b
   3-85d9-c5fd000e2522
   II.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   15000000
   II.6)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä
   II.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.8)Lisätiedot:
   III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
   tiedot
   III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
   III.1.1)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
   koskeviin määräyksiin:
   III.2)Osallistumisehdot
   III.2.1)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.2)Lisätiedot:
   VI.3)Tietoja yleisestä sääntelykehyksestä
   VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Konstruktionen und Teile davon - FR-Mérignac
Konstruktionen und Teile davon
Dokument Nr...: 29273-2016 (ID: 2016012809075968272)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FR-Mérignac: Konstruktionen und Teile davon
   2016/S 19/2016 29273
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mindef/Armée de l'Air/Simmad/SSAM33503
   MINDEF/Armée de l'air/simmad/ssam33503
   Structure spécialisée d'achat et de mandatement 33.503 base aérienne
   106  avenue de l'Argonne, CS 70037
   Kontaktstelle(n): Bureau marchés
   Zu Händen von: Le directeur de la SSAM/GAIA
   33693 Mérignac
   FRANKREICH
   Telefon: +33 533053228
   E-Mail: [4]gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr
   Fax: +33 533053218
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44212300
   Beschreibung
   Konstruktionen und Teile davon.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   8.3.2016 - 11:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 28/01/2016    S19    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Mérignac: Structures et pièces
   2016/S 019-029273
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Mindef/Armée de l'Air/Simmad/SSAM33503
   MINDEF/Armée de l'air/simmad/ssam33503
   Structure spécialisée d'achat et de mandatement 33.503 base aérienne
   106  avenue de l'Argonne, CS 70037
   Point(s) de contact: Bureau marchés
   À l'attention de: Le directeur de la SSAM/GAIA
   33693 Mérignac
   FRANCE
   Téléphone: +33 533053228
   E-mail: [6]gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr
   Fax: +33 533053218
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Défense
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Fourniture de structures pare-soleil pour aéronefs militaires (avions,
   hélicoptères).
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Base aérienne 106 -groupement aérien des
   installations aéronautiques 11.565  magasin du gaia  227 avenue de
   l'argonne, 33693 Merignac.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture de structures pare-soleil pour aéronefs militaires (avions,
   hélicoptères).
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44212300
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Ce marché ne comprend ni montant minimum ni montant maximum annuel.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles: 3
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Aucun cautionnement et garanties exigés.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Le marché est financé sur le budget du ministère de la Défense.
   Sauf renonciation et conformément à l'article 87 du CMP, une avance est
   versée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000
   euros (H.T.) et d'une durée d'exécution supérieure à 2 mois. Cette
   avance est fixée à 20 % du montant du bon de commande si la durée
   prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à 12 mois.
   Le délai global de paiement est de trente jours conformément au décret
   no2013-269 du 29/03/2013.
   Les prestations commandées au titre du marché font l'objet d'un
   paiement définitif après admission des prestations conformément au CCAP
   no 34 du 03 août 2015.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Aucune forme juridique est exigée.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:  lettre de candidature avec, en cas de groupement,
   l'habilitation du mandataire par ses co-traitants, (ou imprimé Cerfa
   Dc1),
    les attestations sur l'honneur justifiant que le candidat ou chaque
   membre du groupement n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
   43 du Code des marchés publics (ou imprimé Cerfa Dc1),
    tous documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager
   la société (en cas de délégation, tous documents justifiant le statut
   du délégant),
    copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
   redressement judiciaire.
   Par mesure de simplification, un document pré-renseigné (Cerfa Dc2),
   dûment rempli par le candidat ou chaque membre du groupement, dispense
   de la transmission des documents relatifs au pouvoir de la personne à
   engager la société.
   Les modèles Dc1 et Dc2 sont disponibles sur le site
   [7]www.economie.gouv.fr
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:  déclaration concernant le chiffre d'affaires global et
   le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du marché,
   réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
    les références des 3 derniers exercices (ou années) en rapport avec
   l'objet du marché (indiquant le montant ou la quantité, la date et le
   destinataire public ou privé),
    déclaration indiquant les effectifs moyens annuels pour chacune des
   trois dernières années,
    tout autre document jugé nécessaire à une juste appréciation des
   capacités du candidat dans la limite de ceux fixés par l'article 45 du
   CMP.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
   réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
   offres à négocier non
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Prix des fournitures. Pondération 65
   2. Valeur technique. Pondération 25
   3. Délai de livraison. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   GAIA-SSAM-15-AOO-013
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   8.3.2016 - 11:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Ce marché est un marché à bons de commande.
   Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le
   site [8]www.marches-publics.gouv.fr
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux Cedex
   E-mail: [9]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif inter-régional de règlement amiable des litiges
   relatifs aux marchés publics
   4b  esplanade Charles de Gaulle
   33077 Bordeaux Cedex
   E-mail: [10]catherine.jardine@aquitaine.pref.gouv.fr
   Téléphone: +33 556906530
   Fax: +33 55690650
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux Cedex
   E-mail: [11]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Feuerwaffen - IT-Rom
Feuerwaffen
Dokument Nr...: 29373-2016 (ID: 2016012809085868365)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  IT-Rom: Feuerwaffen
   2016/S 19/2016 29373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Comando Generale della Guardia di Finanza  Ufficio Approvvigionamenti
   Viale XXI Aprile 51
   Kontaktstelle(n): I° Sezione
   00162 Roma
   ITALIEN
   Telefon: +39 06442239707
   E-Mail: [4]Carpenito.Daniela@gdf.it
   Fax: +39 0644223999
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.gdf.gov.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   35320000
   Beschreibung
   Feuerwaffen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 373 582,10 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   «Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
   Via Pietro Beretta 18
   25063 Gardone Val Trompia (BS)
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 165 575,03 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   «Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
   Via Pietro Beretta 18
   25063 Gardone Val Trompia (BS)
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 208 007,07 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:Carpenito.Daniela@gdf.it?subject=TED
   5. http://www.gdf.gov.it/
OT: 28/01/2016    S19    - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
   Negoziata senza indizione di gara
   Italia-Roma: Armi da fuoco
   2016/S 019-029373
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Forniture
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Comando Generale della Guardia di Finanza  Ufficio Approvvigionamenti
   Viale XXI Aprile 51
   Punti di contatto: I° Sezione
   00162 Roma
   ITALIA
   Telefono: +39 06442239707
   Posta elettronica: [6]Carpenito.Daniela@gdf.it
   Fax: +39 0644223999
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.gdf.gov.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
   uffici a livello locale o regionale
   I.3)Principali settori di attività
   Ordine pubblico e sicurezza
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Fornitura di materiale d'armamento.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Forniture
   Acquisto
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Gardone Val Trompia (BS).
   Codice NUTS
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Fornitura di pistole Beretta mod. 92FS e relativi accessori.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   35320000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 373 582,10 EUR
   IVA esclusa
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Negoziata senza indizione di gara
   Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea (GUUE):
   Direttiva 2004/18/CE
   1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
   pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
   europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
   I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un
   determinato offerente per ragioni che sono:
   tecniche
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di n. 377 pistole Beretta mod.
   92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 754 pistole
   Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 3
   caricatori aggiuntivi. CIG: 6437183375
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   10.12.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 1
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   «Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
   Via Pietro Beretta 18
   25063 Gardone Val Trompia (BS)
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 165 575,03 EUR
   IVA esclusa
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Appalto n.: 2 Denominazione: Fornitura di n. 473 pistole Beretta mod.
   92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 946 pistole
   Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 25
   caricatori aggiuntivi. CIG: 6473512F15
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   21.12.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 1
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   «Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
   Via Pietro Beretta 18
   25063 Gardone Val Trompia (BS)
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 208 007,07 EUR
   IVA esclusa
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR Lazio
   Via Flaminia 189
   00196 Roma
   ITALIA
   Telefono: +39 06328721
   Fax: +39 0632872310
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Notifica
   entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
   sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   Vedasi punto I.1)
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Antineoplastische Mittel - ES-Madrid
Antineoplastische Mittel
Dokument Nr...: 29473-2016 (ID: 2016012809100968460)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  ES-Madrid: Antineoplastische Mittel
   2016/S 19/2016 29473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Hospital Clinico San Carlos de Madrid
   c/ Profesor Martín Lagos, s/n
   Zu Händen von: Araceli Casado Adrados
   28040 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 913303017
   E-Mail: [4]araceli.casado@salud.madrid.org
   Fax: +34 913303062
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33652100
   Beschreibung
   Antineoplastische Mittel.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 979 220,05 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: PNSP 2015-1-068
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Roche Pharma, S.A.
   c/ Eucalipto, 33
   28016 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 913248100
   Fax: +34 913248350
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 806 239,60 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 979 220,05 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:araceli.casado@salud.madrid.org?subject=TED
OT: 28/01/2016    S19    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Adjudicación de contrato sin publicación previa
   España-Madrid: Agentes antineoplásicos
   2016/S 019-029473
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Hospital Clinico San Carlos de Madrid
   c/ Profesor Martín Lagos, s/n
   A la atención de: Araceli Casado Adrados
   28040 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 913303017
   Correo electrónico: [6]araceli.casado@salud.madrid.org
   Fax: +34 913303062
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
   delegaciones regionales o locales
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Salud
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   PNSP 2015-1-068 Suministro de medicamentos: Avastin.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Código NUTS
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Pnsp 2015-1-068 Suministro de medicamentos: Avastin.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33652100
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 1 979 220,05 EUR
   IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Adjudicación de un contrato sin publicación previa de un anuncio de
   licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en los casos
   enumerados en la sección 2 del anexo D1)
   Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
   un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (DOUE):
   Directiva 2004/18/CE
   1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
   publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
   dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
   Los productos de que se trate se fabrican únicamente con fines de
   investigación, experimentación, estudio o desarrollo en las condiciones
   que se establecen en la Directiva.
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se ha realizado una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   pnsp 2015-1-068
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: PNSP 2015-1-068
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   1.12.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Roche Pharma, S.A.
   c/ Eucalipto, 33
   28016 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 913248100
   Fax: +34 913248350
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 3 806 239,60 EUR
   IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
   Valor total final del contrato:
   Valor: 1 979 220,05 EUR
   IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
   Si se trata del valor anual o mensual:
   Número de años: 1
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Tribuna Administrativo de Contratación Pública
   Carrera de San Jerónimo, 13  1ª planta
   28014 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 917206346
   Fax: +34 911206347
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Laborreagenzien - CY-Nikosia
Laborreagenzien
Dokument Nr...: 29573-2016 (ID: 2016012809111268556)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  CY-Nikosia: Laborreagenzien
   2016/S 19/2016 29573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ypoyrgeio Ygeias
   Prodromoy 1 kai Cheilonos 17
   1448 Leykosia
   ZYPERN
   Telefon: +357 22605667
   Fax: +357 22605488
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [4]http://www.eprocurement.gov.cy
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [5]http://www.eprocurement.gov.cy
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [6]http://www.eprocurement.gov.cy
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33696500
   Beschreibung
   Laborreagenzien.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 040 304 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Scientronics Ltd
      7, 
   2233 
   ZYPERN
   E-Mail: [7]a.sarpetsas@biotronics.com.cy
   Telefon: +357 22467880
   Internet-Adresse: [8]http://www.scientronics.com/
   Fax: +357 22764614
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 040 304 EUR
References
   4. http://www.eprocurement.gov.cy/
   5. http://www.eprocurement.gov.cy/
   6. http://www.eprocurement.gov.cy/
   7. mailto:a.sarpetsas@biotronics.com.cy?subject=TED
   8. http://www.scientronics.com/
OT: 28/01/2016    S19    - -  -    -
    
   -:  
   2016/S 019-029573
     
   
    2004/18/
    I:  
   I.1),    
    
    1   17
   1448 
   
   : +357 22605667
    : [6]perm.sec@moh.gov.cy
   : +357 22605488
   (-)  :
      : [7]http://www.eprocurement.gov.cy
      : [8]http://www.eprocurement.gov.cy
        :
   [9]http://www.eprocurement.gov.cy
   I.2)   
         ,  
       
   I.3) 
   
   I.4)       
    II:   
   II.1)
   II.1.1)    
            
             
        , ..35/14.
   II.1.2)      ,   
   
   
    NUTS CY000
   II.1.3)       
    ()
   II.1.4)      
            
             
        , ..35/14.
   II.1.5)      (CPV)
   33696500
   II.1.6)       (GPA)
   II.2)    / 
   II.2.1)    / 
   : 1 040 304 EUR
    
    IV: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.2) 
   IV.2.1) 
         
   1.  .  60
   2.  .  40
   IV.2.2)     
     : 
   IV.3) 
   IV.3.1)        
   
   IV.3.2)      
    V:  
    : 1
   V.1)   :
   13.7.2015
   V.2)    
   V.3)         
   
   Scientronics Ltd
      7, 
   2233 
   
    : [10]a.sarpetsas@biotronics.com.cy
   : +357 22467880
     : [11]http://www.scientronics.com/
   : +357 22764614
   V.4)      
       :
   : 1 040 304 EUR
   V.5)   
    VI:  
   VI.1)       
       /    
      : 
   VI.2) :
   VI.3) 
   VI.3.1)     
     
      81-83, 2  .. 24820
   1304 
   
    : [12]tra@aap.gov.cy
   : +357 22445100
     : [13]http://www.tra.gov.cy
   : +357 22445107
   VI.3.2) 
         ( )  
    : 1.    ,  
                
             
              
        ,   
       ,    
             
      2010 (.104()/2010).
   2.        , 
          
       .  
       [14]www.tra.gov.cy
   3.        ,  
           , 
             
          2010 (.104()/2010).
   VI.3.3)        
   
     
      81-83, 2  .. 24820
   1304 
   
    : [15]tra@aap.gov.cy
   : +357 22445100
     : [16]http://www.tra.gov.cy
   : +357 22445107
   VI.4)    :
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Textilreinigung - FI-Kajaani
Textilreinigung
Dokument Nr...: 29673-2016 (ID: 2016012809121068660)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FI-Kajaani: Textilreinigung
   2016/S 19/2016 29673
   Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas, PL 133, FI Kajaani 87101,
   FINNLAND. Telefon: +358 444214180. E-Mail: erja.tuovinen@kajaani.fi
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.1.2016, [1]2016/S
   017-025964)
   Betr.:
   CPV:98312000
   Textilreinigung
   Anstatt:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
   pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle 1.4.2016 
   31.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus.
   Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
   -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
   tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
   tästä Hilma-ilmoituksesta:
   [2]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
   212-f0eb918591e1
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   3.3.2016 (9:00)
   muss es heißen:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
   pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle
   1.4.201631.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus
   Korjausilmoitus / 26.1.2016:
   1. Pesulapalvelut -kohderyhmän virheelliset määrätiedot korjattu
   (hankinnan kohteen kriteerit).
   2. Määräaikaa jatkettu (Hilma lomakkeen kohta
   IV.3.4)
   Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
   -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
   tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
   tästä Hilma-ilmoituksesta:
   [3]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
   212-f0eb918591e1
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   8.3.2016 (9:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025964-2016:TEXT:DE:HTML
   2. https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a212-f0eb918591e1
   3. https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a212-f0eb918591e1
OT: 28/01/2016    S19    - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin
   menettely
   Suomi-Kajaani: Tekstiilien puhdistuspalvelut
   2016/S 019-029673
   Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas, PL 133, FI Kajaani 87101,
   SUOMI. Puhelin: +358 444214180. Sähköpostiosoite:
   erja.tuovinen@kajaani.fi
   (Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 26.1.2016, [1]2016/S
   017-025964)
   Viite:
   CPV:98312000
   Tekstiilien puhdistuspalvelut
   Oikaistava tieto:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
   pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle 1.4.2016 
   31.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus.
   Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
   -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
   tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
   tästä Hilma-ilmoituksesta:
   [2]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
   212-f0eb918591e1
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   3.3.2016 (9:00)
   Oikaisu:
   II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
   Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
   pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle
   1.4.201631.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus
   Korjausilmoitus / 26.1.2016:
   1. Pesulapalvelut -kohderyhmän virheelliset määrätiedot korjattu
   (hankinnan kohteen kriteerit).
   2. Määräaikaa jatkettu (Hilma lomakkeen kohta
   IV.3.4)
   Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
   -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
   tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
   tästä Hilma-ilmoituksesta:
   [3]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
   212-f0eb918591e1
   IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
   määräaika:
   8.3.2016 (9:00)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Personensonderbeförderung (Straße) - FR-Magny-en-Vexin
Personensonderbeförderung (Straße)
Dokument Nr...: 2973-2016 (ID: 2016010609095040324)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  FR-Magny-en-Vexin: Personensonderbeförderung (Straße)
   2016/S 3/2016 2973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Group hospit. intercom du Vexin
   38 rue Carnot, BP 50039
   Zu Händen von: Mme Alisse
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANKREICH
   Telefon: +33 134794419
   E-Mail: [4]catherine.lecreux@ghi-vexin.fr
   Fax: +33 134794480
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60130000
   Beschreibung
   Personensonderbeförderung (Straße).
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ambulance du Vexin
   60 rue de Beauvais
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ambulance du Vexin
   60 rue de Beauvais
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ambulance d'Herblay
   36 rue Jean Leclaire
   95226 Herblay Cedex
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:catherine.lecreux@ghi-vexin.fr?subject=TED
OT: 06/01/2016    S3    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Magny-en-Vexin: Services spécialisés de transport routier de
   passagers
   2016/S 003-002973
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Group hospit. intercom du Vexin
   38 rue Carnot, BP 50039
   À l'attention de: Mme Alisse
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANCE
   Téléphone: +33 134794419
   E-mail: [6]catherine.lecreux@ghi-vexin.fr
   Fax: +33 134794480
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Transports sanitaires en ambulance et VSL
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 27: Autres services
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Aincourt  Magny-en-Vexin et Marines.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Transports sanitaires en ambulance et VSL.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60130000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. 50 % des moyens mis à la disposition du GHIV (parc de véhicules et
   équipements, effectifs et qualifications du personnel, lieu de
   stationnement des véhicules)
   2. 30 % de l'engagement de qualité de la prestation (ponctualité,
   service auprès du patient)
   3. 20 % du tarif des prestations
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   22 OCTOBRE 2015
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 208-377797 du 27.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Transports de jour en ambulance et VSL du site
   Aincourt vers toute destination en Île-de-France et ses départements
   limitrophes
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Ambulance du Vexin
   60 rue de Beauvais
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 2 - Intitulé: Transports de jour en ambulances et VSL du site
   de Magny vers toute destination située en Île-de-France et ses
   départements limitrophes
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Ambulance du Vexin
   60 rue de Beauvais
   95420 Magny-en-Vexin
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Lot nº: 3 - Intitulé: Transport de jour en ambulances et VSL du site de
   Marines vers toute destination située en Magny-en-Vexin et ses
   départements limitrophes
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Ambulance d'Herblay
   36 rue Jean Leclaire
   95226 Herblay Cedex
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-161883, mise en ligne le 23.10.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Restaurant- und Bewirtungsdienste - PL-Warschau
Restaurant- und Bewirtungsdienste
Dokument Nr...: 29773-2016 (ID: 2016012809133068760)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  PL-Warschau: Restaurant- und Bewirtungsdienste
   2016/S 19/2016 29773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Zakad Ubezpiecze Spoecznych
   ul. Szamocka 3, 5
   Zu Händen von: Marzena Gawlik
   01-748 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 226671727
   E-Mail: marzena.gawlik@zus.pl z zastrzeeniem sekcji VI.3)
   Fax: +48 226671733/36
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.zus.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   55300000
   Beschreibung
   Restaurant- und Bewirtungsdienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 15.2.2016 - 09:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 09:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. http://www.zus.pl/
OT: 28/01/2016    S19    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi restauracyjne i dotyczce podawania posików
   2016/S 019-029773
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Zakad Ubezpiecze Spoecznych
   ul. Szamocka 3, 5
   Osoba do kontaktów: Marzena Gawlik
   01-748 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 226671727
   E-mail: marzena.gawlik@zus.pl z zastrzeeniem sekcji VI.3)
   Faks: +48 226671733/36
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [6]http://www.zus.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: ubezpieczenia spoeczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Prowadzenie bazy ywieniowej w Centralnym Orodku Szkoleniowym ZUS w
   Osuchowie.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 17: Usugi hotelarskie i restauracyjne
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Centralny Orodek ZUS w Osuchowie.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bazy ywieniowej w Centralnym
   Orodku Szkoleniowym Zamawiajcego w Osuchowie k/Mszczonowa, od dnia
   zawarcia Umowy, jednake nie wczeniej ni od 1.3.2016 do wykorzystania
   limitu 30 000 osobodni, jednak nie duej ni do 28.2.2018 lub do
   wyczerpania rodków przeznaczonych w umowie na realizacj zamówienia, w
   zalenoci, które zdarzenie nastpi jako pierwsze.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   55300000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   II.2.2)Informacje o opcjach
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczcie 1.3.2016. Zakoczenie 28.2.2018
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Wykonawca skadajcy ofert jest zobowizany wnie wadium w wysokoci
   44 000 (sownie: czterdzieci cztery tysice zotych).
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: I. WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU
   1. O udzielenie zamówienia ubiega si mog Wykonawcy, którzy speniaj
   warunki dotyczce:
   1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
   2) posiadania wiedzy i dowiadczenia
   3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
   zdolnymi do wykonania zamówienia
   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
   opisane w sekcji III.2.3)
   2. O udzielenie zamówienia ubiega si mog Wykonawcy, którzy nie
   podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia.
   3. Wykonawcy mog polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
   finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
   czcych go z nimi stosunków.
   II. Wymagane dokumenty
   1. Wykonawca skada wraz z ofert nastpujce dokumenty i owiadczenia:
   1.1. owiadczenia i dokumenty potwierdzajce spenianie warunków
   udziau w postpowaniu:
   1) owiadczenie potwierdzajce spenianie przez Wykonawc warunków
   okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporzdzone wg wzoru
   stanowicego zacznik nr 3 do SIWZ;
   2) jeeli Wykonawca polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
   finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
   czcych go z nimi stosunków, zobowizany jest udowodni
   Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji
   zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
   zobowizanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
   zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
   1.2. owiadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z
   postpowania o udzielenie zamówienia:
   1) owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzdzone wg wzoru
   stanowicego zacznik nr 4 do Specyfikacji;
   2) aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   3) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   4) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4  8 oraz 10 i 11 ustawy wystawion
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawion nie wczeniej ni 6
   miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   7) lista podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej o której
   mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, e nie naley
   do grupy kapitaowej.
   2. W przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
   5-8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
   zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
   art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeniej ni 6
   miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
   gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
    zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed
   notariuszem.
   3. Wykonawca zagraniczny
   3.1. Wykonawca zagraniczny (majcy siedzib lub miejsce zamieszkania
   poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów
   wskazanych w pkt 1.2.:
   1) ppkt 2), 3), 4), 6)  skada dokument lub dokumenty, wystawione w
   kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
   odpowiednio, e:
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci  wystawione
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
   b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
   spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
   caoci wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej
   ni 3 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
   c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie 
   wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   ofert;
   2) ppkt 5)  skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
   administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz,
   w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4  8 ustawy 4  wystawione
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   4. Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
   ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów
   wskazanych w pkt 3.1. Zastpuje si je dokumentem zawierajcym
   owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione do
   reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
   Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem 
   wystawione odpowiednio w terminach okrelonych w pkt 3.1.
   III. Zasady udziau w postpowaniu wykonawców wystpujcych wspólnie
   1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
   ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu albo
   reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
   publicznego.
   2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, skadaj jedn ofert, przy czym:
   a) wymagane owiadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III.2.1)
   Rozdzia II pkt. 1.2 ppkt 1)-7) niniejszego ogoszenia skada kady z
   Wykonawców,
   b) owiadczenie potwierdzajce spenianie warunków okrelonych w art.
   22 ust. 1 ustawy  wszyscy Wykonawcy wspólnie,
   c) pozostae dokumenty skadaj wszyscy Wykonawcy wspólnie.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   1. W okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym
   okresie, wykonali lub wykonuj co najmniej 2 usugi polegajce na
   przygotowaniu i podaniu posiku w miejscu, w którym jest on
   przyrzdzany, przy czym kada usuga obejmuje swoim zakresem
   przygotowanie minimum 7 000 caodziennych posików (niadanie, obiad,
   kolacja), przez okres minimum 12 kolejnych miesicy w sposób cigy.
   Maksymalna liczba usug, która bdzie stanowia podstaw oceny ofert
   (zgodnie z kryteriami okrelonymi w Rozdziale VII SIWZ) to 6.
   Na potwierdzenie powyszego warunku, Wykonawca zobowizany jest zoy:
   wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, co najmniej 2 usug
   polegajcych na przygotowaniu i podaniu posiku w miejscu, w którym
   jest on przyrzdzany, przy czym kada usuga obejmuje swoim zakresem
   przygotowanie minimum 7 000 caodziennych posików (niadanie, obiad,
   kolacja) przez okres minimum 12 kolejnych miesicy, w sposób cigy
   wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
   rzecz których usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodów, czy
   zostay wykonane lub s wykonywane naleycie, sporzdzony wg wzoru
   stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ.
   2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   zostanie uznany za speniony, jeeli Wykonawca w zaczniku nr 6 do
   SIWZ pn. Wykaz osób, wykae, e dysponuje min. 4 osobami zdolnymi do
   wykonania zamówienia:
   a) szefem kuchni:
    posiadajcym kwalifikacje gastronomiczne min. zawodowe;
    posiadajcym dowiadczenie min. 12 miesicy, w zakresie usug
   bdcych przedmiotem zamówienia;
    posiadajcym aktualn i wan ksieczk sanitarno-epidemiologiczn;
   b) minimum 3 osobami:
    posiadajcymi kwalifikacje gastronomiczne min. zawodowe, które bd
   wiadczyy usugi gastronomiczne;
    posiadajcymi dowiadczenie min. 6 miesicy w zakresie usug bdcych
   przedmiotem zamówienia;
    posiadajcymi aktualne i wane ksieczki sanitarno-
   epidemiologiczne.
   Na potwierdzenie powyszego warunku, Wykonawca zobowizany jest zoy:
   wykaz osób, które bd uczestniczyy w wykonywaniu zamówienia i którymi
   dysponuje Wykonawca, sporzdzony wedug wzoru stanowicego Zacznik nr
   6 do SIWZ.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cakowita cena oferty brutto. Waga 95
   2. Dowiadczenie Wykonawcy. Waga 5
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   TZ/271/1/16
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
   do dokumentów: 15.2.2016 - 09:00
   Dokumenty odpatne: tak
   Poda cen: 50 PLN
   Warunki i sposób patnoci: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   jest odpatna (przelewem lub gotówk) w przypadku, gdy Wykonawca bdzie
   odbiera osobicie w siedzibie Zamawiajcego lub zwróci si z prob o
   przesanie SIWZ poczt. Bezpatnie na stronie Zamawiajcego
   [7]www.zus.pl
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   15.2.2016 - 09:00
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 15.2.2016 - 9:00
   Miejscowo:
   Otwarcie ofert nastpi w dniu upywu terminu skadania ofert w
   siedzibie Zamawiajcego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydo C,
   pitro I, Sala narad  pok. 135 o godz. 9:30
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   1. Termin realizacji zamówienia, od dnia zawarcia Umowy, jednake nie
   wczeniej ni od dnia 1 marca 2016 r. do wykorzystania limitu 30 000
   osobodni, jednak nie duej ni do 28.2.2018 lub do wyczerpania rodków
   przeznaczonych w umowie na realizacj zamówienia, w zalenoci, które
   zdarzenie nastpi jako pierwsze.
   2. Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmian umowy w zakresie
   opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego
   realizacji  jeeli zmiany s korzystne dla Zamawiajcego lub wywoane
   okolicznociami, których nie mona byo przewidzie
   w momencie skadania oferty.
   3. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci zmiany umowy w zakresie
   przeniesienia praw i obowizków wynikajcych z umowy na osoby trzecie w
   zakresie cesji wierzytelnoci.
   4. Zmiana umowy wynika z okolicznoci, których nie mona byo
   przewidzie w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s korzystne dla
   Zamawiajcego.
   5. Zmiana postanowie umowy nastpuje w formie pisemnego aneksu pod
   rygorem niewanoci.
   6. Z wnioskiem o zmian postanowie umowy moe wystpi zarówno
   Wykonawca, jak
   i Zamawiajcy.
   7. Wysoko wynagrodzenia Wykonawcy okrelonego w § 5 ust. 3 wzoru
   umowy moe ulec zmianie, z zastrzeeniem postanowie ust. 7  10, w
   przypadku zmiany:
   1) stawki podatku od towarów i usug (VAT),
   2) wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie
   art. 2 ust. 35 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac
   (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
   Nr 157, poz. 1314),
   3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym lub ubezpieczeniu
   zdrowotnemu lub wysokoci stawki skadki na ubezpieczenia spoeczne lub
   zdrowotne,
   jeeli zmiany te bd miay wpyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
   przez Wykonawc.
   7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 6, skutkujcych
   zmian wysokoci wynagrodzenia nalenego Wykonawcy, kada ze stron
   Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujcych tych
   zmian do 30 dnia od dnia ich wejcia w ycie, moe wystpi do drugiej
   strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokoci wynagrodzenia.
   8. Podstaw do dokonania odpowiednich zmian wysokoci wynagrodzenia,
   bdzie przedstawiona kadorazowo Zamawiajcemu kalkulacja kosztów
   Wykonawcy, potwierdzajca wpyw wejcia w ycie przepisów dokonujcych
   te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc.
   Wykonawca zobowizany jest dostarczy dokumentacj potwierdzajc
   poprawno dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajcymi zmian
   wynagrodzenia.
   9. Przed podjciem decyzji o zwikszeniu wynagrodzenia Zamawiajcy
   dokona weryfikacji zasadnoci oraz poprawnoci oblicze dokonanych
   przez Wykonawc w zakresie danej zmiany wynagrodzenia, a take oceny
   moliwoci sfinansowania wyszego wynagrodzenia w ramach rodków
   posiadanych w planie finansowym Zamawiajcego, zatwierdzonym na dany
   rok.
   10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajcego braku moliwoci
   zabezpieczenia rodków finansowych na zwikszenie wynagrodzenia,
   Zamawiajcy dokona stosownego skrócenia okresu wiadczenia usug.
   11. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie Zamawiajcego [8]www.zus.pl
   od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - FR-Carcassonne
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 29873-2016 (ID: 2016012809142168849)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FR-Carcassonne: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   2016/S 19/2016 29873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Conseil général de l'Aude
   Département de l'Aude, allée Raymond Courrière
   Zu Händen von: M. le président du Conseil départemental de l'Aude
   11855 Carcassonne Cedex 9
   FRANKREICH
   Telefon: +33 468116970
   E-Mail: [4]marches@aude.fr
   Fax: +33 468116893
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.aude.fr
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Département de l'Aude
   Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
   Publics
   Zu Händen von: Cécile Pruss
   11855 Carcassonne Cedex 9
   Telefon: +33 468116970
   E-Mail: [6]marches@aude.fr
   Fax: +33 468116893
   Internet-Adresse: [7]http://www.aude.fr
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Département de
   l'Aude
   Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
   Publics Bureau 2.089
   Zu Händen von: Cécile Pruss
   11855 Carcassonne Cedex 9
   Internet-Adresse: [8]http://www.aude.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77310000
   Beschreibung
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 16:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:marches@aude.fr?subject=TED
   5. http://www.aude.fr/
   6. mailto:marches@aude.fr?subject=TED
   7. http://www.aude.fr/
   8. http://www.aude.fr/
OT: 28/01/2016    S19    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   France-Carcassonne: Réalisation et entretien d'espaces verts
   2016/S 019-029873
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Conseil général de l'Aude
   Département de l'Aude, allée Raymond Courrière
   À l'attention de: M. le président du Conseil départemental de l'Aude
   11855 Carcassonne Cedex 9
   FRANCE
   Téléphone: +33 468116970
   E-mail: [6]marches@aude.fr
   Fax: +33 468116893
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.aude.fr
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Département de l'Aude
   Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
   Publics
   À l'attention de: Cécile Pruss
   11855 Carcassonne Cedex 9
   Téléphone: +33 468116970
   E-mail: [8]marches@aude.fr
   Fax: +33 468116893
   Adresse internet: [9]http://www.aude.fr
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Département de l'Aude
   Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
   Publics Bureau 2.089
   À l'attention de: Cécile Pruss
   11855 Carcassonne Cedex 9
   Adresse internet: [10]http://www.aude.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Entretien et aménagement des sentiers sous maîtrise d'ouvrage
   départementale.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Code NUTS FR811
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   Durée de laccord-cadre
   Durée en années: 1
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Entretien et aménagement des sentiers sous maîtrise d'ouvrage
   départementale.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   77310000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.1.8)Lots
   Division en lots: oui
   Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   II.2.2)Information sur les options
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles: 3
   dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles
   d'être reconduits, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
   en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   Information sur les lots
   Lot nº: 01 Intitulé: Zone EST
   1)Description succincte
   Zone EST.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   77310000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 02 Intitulé: Zone CENTRE
   1)Description succincte
   Zone CENTRE.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   77310000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   5)Information complémentaire sur les lots
   Lot nº: 03 Intitulé: Zone OUEST
   1)Description succincte
   Zone OUEST.
   2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   77310000
   3)Quantité ou étendue
   4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   5)Information complémentaire sur les lots
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Mode de financement: Les crédits émaneront du budget propre du
   Département..
    Mode de paiement: Virement bancaire (Mandat administratif).
    Délai de paiement: 30 jours.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement
   conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution
   du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
   contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de
   présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
   individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir
   adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en
   agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Lettre de candidature (ou Imprimé Dc1)
   Déclaration du candidat (ou Imprimé Dc2)
   Pouvoir de la personne à engager le candidat
   déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans
   aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est
   en redressement judiciaire
   déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
   d'affaires concernant les travaux, fournitures ou services objet du
   marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Moyens humains (effectifs) et matériels (outillage et équipement
   technique) dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations
   de même nature
   liste des principales références pour des prestations similaires
   exécutées ou en cours d'exécution au cours des trois dernières années
   (cinq pour les travaux) indiquant notamment indiquant le montant, la
   date et le destinataire public ou privé.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Valeur technique de l'offre. Pondération 50
   2. Prix des prestations. Pondération 50
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   16S0011
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   7.3.2016 - 16:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Modalités de retrait des documents: Retrait par voie papier ou par voie
   électronique.
   Modalités de sélection des offres: La pondération est exprimée en
   pourcentage.
   Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
   Autres renseignements demandés:
    Autres renseignements demandés: === Offre ===;
    Autres renseignements demandés: acte d'engagement;
    Autres renseignements demandés: bordereau des Prix;
    Autres renseignements demandés: détail Quantitatif Estimatif;
    Autres renseignements demandés: mémoire Technique Justificatif.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25 janvier 2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Montpellier
   Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot
   34063 Montpellier Cedex
   E-mail: [11]greffe.ta-montpellier@juradm.fr
   Téléphone: +33 467548100
   Adresse internet:
   [12]http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml
   Fax: +33 467547410
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et
   des Litiges
   c.c.i.r.a.l. Secrétariat général pour les Affaires Régionales Boulevard
   Paul Peytral
   13282 Marseille Cedex 20
   Téléphone: +33 491156374
   Adresse internet: [13]http://www.paca.pref.gouv.fr/frameset.php
   Fax: +33 491156190
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht - FI-Tampere
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
Dokument Nr...: 29973-2016 (ID: 2016012809173368956)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FI-Tampere: Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
   2016/S 19/2016 29973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus
   PL 297
   FI-33101 Tampere
   FINNLAND
   E-Mail: [4]tuula.makinen@ely-keskus.fi
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   80400000
   Beschreibung
   Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Niedrigstes Angebot 1 und höchstes Angebot 3 000 000 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 28/2016
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 1 und höchstes Angebot 3 000 000 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 3
References
   4. mailto:tuula.makinen@ely-keskus.fi?subject=TED
OT: 28/01/2016    S19    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta -
   Avoin menettely
   Suomi-Tampere: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
   2016/S 019-029973
   Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
   Palvelut
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus
   PL 297
   FI-33101 Tampere
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [6]tuula.makinen@ely-keskus.fi
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Alue- tai paikallistason viranomainen
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
   Palvelualan koulutuskokonaisuus.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Palvelut
   NUTS-koodi
   II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
   hankintajärjestelmästä (DPS)
   II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Työvoimakoulutuksen hankinta.
   II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   80400000
   II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
   II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
   Alhaisin tarjous 1 ja korkein tarjous 3 000 000 EUR
   Ilman alv:tä
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
   Hankintasopimus nro 28/2016
   PIRELY/5229/2015
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Hankintailmoitus
   , 8.9.2015
   V kohta: Sopimuksen tekeminen
   Sopimus nro: 28/2016 Nimi : Palvelualan koulutuskokonaisuus
   V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
   4.1.2016
   V.2)Tietoa tarjouksista
   Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
   V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on
   tehty
   Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
   V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
   Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
   Alhaisin tarjous 1 ja korkein tarjous 3 000 000 EUR
   Ilman alv:tä
   Jos vuosi- tai kuukausikohtainen arvo:
   Vuosien lukumäärä: 3
   V.5)Tietoa alihankinnasta
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.2)Lisätiedot:
   VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.3.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   PL 118
   FI-00131 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.3.2)Muutoksenhaku
   VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Tychowo
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Holzgewinnung
Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
Holzfällung
Transport von Stämmen im und aus dem Wald
Rodung
Fällen von Bäumen
Baumpflege
Aussaat von Baumsamen
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
Verwaltung in der Forstwirtschaft
Bekämpfung von Forstschädlingen
Aufforstung
Waldbrandbekämpfung
Dokument Nr...: 30073-2016 (ID: 2016012809184969045)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  PL-Tychowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
   2016/S 19/2016 30073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Skarb Pastwa  Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe 
   Nadlenictwo Tychowo
   ul. Bobolicka 86
   Zu Händen von: Katarzyna Marcinkowska, Krystyna Rakoczy
   78-220 Tychowo
   POLEN
   Telefon: +48 943409620/+48 943115201
   E-Mail: [4]tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowi
   enia_publiczne
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400,
   77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120
   Beschreibung
   Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
   Holzgewinnung.
   Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung.
   Holzfällung.
   Transport von Stämmen im und aus dem Wald.
   Rodung.
   Fällen von Bäumen.
   Baumpflege.
   Aussaat von Baumsamen.
   Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
   Verwaltung in der Forstwirtschaft.
   Bekämpfung von Forstschädlingen.
   Aufforstung.
   Waldbrandbekämpfung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 8 328 805,65 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: UL Marek Dyk; UL Mirosaw ycki
   Karsina 11; Ujazd 6/2
   76-010; 76-020 Polanow; Bobolice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 605 509,49 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 605 509,10 PLN
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: ZUL Mirosawa Prokopowicz; Pozyskanie Drewna i Zrywka
   Stanisaw Nogalski
   Nowosióki 1/2; Rosnowo 2/21
   76-020; 76-042 Bobolice; Rosnowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 679 930,87 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 679 523 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: UL i T Waleria Grayna Podstawka; UL Tomasz Podstawka;
   FU-H DREWMIX Rafa Bprpwczak
   Pobd 17A; Pobd 17A; Dobrowo 13
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 778 114,71 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 778 083,02 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: Roboty Ziemne i Budowa Dróg Hermantrans ukasz Herman;
   ZUL i Transportowych Leszek Kowalski; UL Wiesaw Gruca
   Tyczewo 3; Tyczewo 3; Dargi 21/1
   78-220; 78-220; 76-020 Tychowo; Tychowo; Bobolice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 855 370,70 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 855 328,05 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: FU-H DALLAS ukasz Borowczak; FU-H BOREX Radosaw
   Borowczak; ZUL Marian Borowczak
   Dobrowo 13; Dobrowo 16; Dobrowo 16
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 758 321,37 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 758 206,20 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: ZUL Robert Papuch; ZUL i T Micha Kuczmera
   Jatynia 1/2; Pobd 8
   76-020; 78-220 Bobolice; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 788 233,77 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 787 633,74 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: ZUL Ryszard Grubalski; UL Ryszard Olender; FU-H
   DREWPOL Krzysztof Borowczak
   Bukowo 8/2; ul. A. Mickiewicza 8/3 16; Dobrowo 13
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 020 539,23 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 011 643,08 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: ZUL Sylwester Ponik; UL-T Tomasz Dygas
   Drzonowo 17/2; Ujazd 8/2
   78-220; 76-020 Tychowo; Bobolice
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 101 789,13 PLN
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 100 981,90 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: UL-T Zdzisaw i Andrzej Winiszewscy S.c.; UL Piotr
   Kuczmera
   Osówko 34; Pobd 8
   78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 898 037,05 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 895 685,70 PLN
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum firm: ULiT Ryszard Pietrzak; ULiT Marek Matysiak
   Ubocze 1; ul. Polna 13
   78-450; 78-220 Grzmica; Tychowo
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 856 258,50 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 856 211,85 PLN
   ohne MwSt
References
   4. mailto:tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl?subject=TED
   5. http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
   6. http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowienia_publiczne
OT: 28/01/2016    S19    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Tychowo: Usugi lenictwa
   2016/S 019-030073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Skarb Pastwa  Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe 
   Nadlenictwo Tychowo
   ul. Bobolicka 86
   Osoba do kontaktów: Katarzyna Marcinkowska, Krystyna Rakoczy
   78-220 Tychowo
   POLSKA
   Tel.: +48 943409620/+48 943115201
   E-mail: [6]tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej:
   [7]http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
   Dostp elektroniczny do informacji:
   [8]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowi
   enia_publiczne
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: Skarb Pastwa  Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: gospodarka lena
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
   Tychowo w roku 2016.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Obszar administracyjny Nadlenictwa
   Tychowo.
   Kod NUTS PL422
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   1.) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
   okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
   jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
   zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i
   zrywki drewna, utrzymania lasu, gospodarki kowo-rolnej, nasiennictwa
   oraz gospodarki szkókarskiej do wykonania na terenie Nadlenictwa
   Tychowo w roku 2016.
   Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegóowy opis
   technologii wykonywania poszczególnych prac (czynnoci) wchodzcych w
   skad przedmiotu zamówienia, zawarty zosta w zacznikach nr 1B, 1C i
   1D do SIWZ.
   Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bdzie obszar administracyjny
   Nadlenictwa Tychowo, przy czym realizacja poszczególnych czci
   zamówienia bdzie si odbywaa w granicach administracyjnych lenictw 
   waciwych dla danej czci zamówienia. Lokalizacje (adresy lene), na
   których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia zostay opisane
   w zaczniku nr 1B do SIWZ.
   Opisy kodów czynnoci opisujcych poszczególne czynnoci wchodzce w
   skad przedmiotu zamówienia zostay opisane w zaczniku nr 1C do SIWZ.
   Czci zamówienia
   Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 11 czci:
   Cz 1  lenictwo: Kopaniewo,
   Cz 2  lenictwo: Rosnowo,
   Cz 3  lenictwo: Kurozwcz,
   Cz 4  lenictwa: Dargi, Krpa,
   Cz 5  lenictwo: Pobd,
   Cz 6  lenictwo: Glinki,
   Cz 7  lenictwa: Bukowo, Bbnica,
   Cz 8  lenictwa: Smcino, Dzicioowo,
   Cz 9  lenictwa: Czarnikowo, Sadkowo,
   Cz 10  lenictwa: Nosibdy, Drzonowo,
   Cz 11  gospodarstwo szkókarskie.
   Wykonawca moe zoy ofert na jedn cz zamówienia. Oferta zoona
   na dan cz zamówienia musi obejmowa cay zakres prac przewidzianych
   w SIWZ dla danej czci.
   Nazwy i kody dotyczce przedmiotu zamówienia okrelone zgodnie ze
   Wspólnym Sownikiem Zamówie (CPV):
   77200000-2 Usugi lenictwa,
   77210000-5 Usugi pozyskania drewna,
   77211000-2 Usugi uboczne zwizane z pozyskiwaniem drewna,
   77211100-3 Usugi cicia drewna,
   77211200-4 Transport duyc na terenie lasów,
   77211300-5 Usugi selekcji drzew,
   77211400-6 Usugi wycinania drzew,
   77211500-7 Usugi pielgnacji drzew,
   77211600-8 Sadzenie drzew,
   77230000-1 Usugi dorane dotyczce lenictwa,
   77231000-8 Usugi gospodarki lenej,
   77231200-0 Usugi zwalczania szkodników lenych,
   77231600-4 Usugi zalesiania,
   75251120-0 Usugi ochrony przeciwpoarowej lasów.
   2.) Unormowania, których zobowizany bdzie w szczególnoci
   przestrzega Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
   1) Podstawowe akty prawne:
    ustawa z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153
   z pón. zm.),
    ustawa z 16.4.2004 o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
   poz. 627 z pón. zm.),
    rozporzdzenie Ministra rodowiska z 24.8.2006 w sprawie
   bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
   zakresu gospodarki lenej (Dz.U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141 z pón.
   zm.),
    rozporzdzenie Ministra rodowiska z 22.3.2006 w sprawie
   szczegóowych zasad zabezpieczenia przeciwpoarowego lasów (Dz.U. z
   2006 r. nr 58, poz. 405 z pón. zm.),
    rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 7.6.2010
   w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów
   budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pón. zm.).
   2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa
   obowizujcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca bdzie
   obowizany do stosowania i przestrzegania obowizków i zasad
   wynikajcych z niej wymienionych dokumentów:
    Zasady hodowli lasu  wprowadzone zarzdzeniem nr 53 Dyrektora
   Generalnego Lasów Pastwowych z 21.11.2011,
    Instrukcja ochrony lasu  wprowadzona zarzdzeniem nr 57 Dyrektora
   Generalnego Lasów Pastwowych z 22.11.2011,
    Instrukcja bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
   podstawowych prac z zakresu gospodarki lenej  wprowadzona
   zarzdzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 20.4.2012,
    Instrukcja ochrony przeciwpoarowej lasu  wprowadzon zarzdzeniem
   nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 21.11.2011,
   [ww. dokumenty s dostpne na stronie internetowej pod adresem
   [9]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczn
   e]
    Zasady, kryteria i standardy zrównowaonej gospodarki lenej FSC,
   PEFC ([10]http://pl.fsc.org, [11]http://www.pefc-polska.pl).
   3) Wykonawca obowizany bdzie przestrzega przy realizacji przedmiotu
   zamówienia nastpujcych norm:
   Normy na surowiec drzewny:
    PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podzia, terminologia i symbole,
    PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miszoci i
   cechowanie,
    PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liciaste.
   Wspólne wymagania i badania,
    PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno redniowymiarowe. Wspólne
   wymagania i badania,
    PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno maowymiarowe, Wspólne
   wymagania i badania
    PN-79/D-01011 Drewno okrge. Wady,
    PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakoci wedug metody
   alternatywnej.
   Normy i warunki techniczne na surowiec drzewny:
    Zarzdzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 26.6.2014
   w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
   sklejkowe;
    Zarzdzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 27.9.2013
   w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
   iglaste;
    Zarzdzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 27.9.2013
   w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kodach
   w jednostkach organizacyjnych Lasów Pastwowych;
    Zarzdzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
   w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
   redniowymiarowe ogólnego przeznaczenia  S2AP;
    Zarzdzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
   w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
   redniowymiarowe uytkowe  S2B;
    Zarzdzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
   w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
   maowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego  M1PO;
    Zarzdzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 5.4.2011
   w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na
   drewno redniowymiarowe energetyczne,
    Zarzdzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 21.6.1993
   w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny obowizujcych w
   Pastwowym Gospodarstwie Lenym Lasy Pastwowe:
    Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,
    Ramowe warunki techniczne na supy teletechniczne,
    Zarzdzenie nr 19 Dyrektora RDLP w Szczecinku z 23.4.2012 w sprawie
   zasad udostpniania drzewostanów sieci szlaków operacyjnych w
   nadlenictwach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinku.
   Ww. dokumenty s dostpne na stronie internetowej pod adresem
   [12]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publicz
   ne.
   3.) Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
   1) Wykonawca bdzie wykonywa przedmiot zamówienia na podstawie
   pisemnych zlece przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiajcego
   (dalej: Zlecenie). Zlecenie okrela bdzie zakres prac do wykonania,
   termin ich realizacji, lokalizacj (adres leny), a w przypadku
   zaistnienia takiej potrzeby równie szczególne wymagania, co do sposobu
   wykonania prac oraz okrelenie czci prac stanowicych przedmiot
   Zlecenia objtych odbiorami czciowymi. Ilo surowca do wykonania w
   ramach pozyskania i zrywki drewna wskazana w Zleceniu jest wartoci
   szacunkow. Uznaje si, e wykonanie zlecenia z zakresu pozyskania i
   zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie zrealizowania przez
   Wykonawc wszystkich prac i wypenienie wszystkich wymogów opisanych w
   SIWZ. Dopuszcza si, e w toku realizacji prac z zakresu pozyskania i
   zrywki drewna mog wystpi odchylenia do 10 % masy pomidzy sum
   Zlece w danym miesicu a wykonaniem.
   2) Wykonawca przyjmuje do wiadomoci, e wskazana w opisie zamówienia
   (zacznik nr 1B do SIWZ) i zleceniu powierzchnia, na której bd
   realizowane prace z zakresu zagospodarowania lasu, jest powierzchni
   zredukowan, tzn., e w terenie moe by realizowana na powierzchni
   manipulacyjnej wikszej, na której s fragmenty, gdzie zabieg nie
   bdzie realizowany (np. pozostawione biogrupy drzew, bagna lub miejsca,
   gdzie zabieg nie bdzie wykonywany, bo jest na danym etapie rozwoju
   drzewostanu zbdny).
   3) Wykonawca bdzie zobowizany do uprztnicia swoich nieczystoci z
   powierzchni, na której wykonywane byy prace, oraz odpadów pozostaych
   po pozyskaniu z przylegych dróg i rowów melioracyjnych.
   4) Wykonawca bdzie zobowizany do stosowania oleju biodegradowalnego
   do sprztu hydraulicznego i do smarowania pi acuchowych oraz
   zestawów do pochaniania oleju w urzdzeniach eksploatowanych na
   terenie lasów.
   5) Do smarowania pi acuchowych w eksploatowanych urzdzeniach
   Wykonawca bdzie zobowizany stosowa olej biodegradowalny o parametrze
   biodegradacji nie gorszym ni 60 %. Wymagane jest okrelenie
   biodegradowalnoci zgodnie z metodyk bada opisan w Rozporzdzeniu
   Komisji (WE) NR 440/2008 z 30.5.2008 (test przesiewowy OECD A-C)
   ustalajcej metody bada zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006
   Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
   udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
   (REACH).
   6) Wyznacznikiem szacunkowej iloci objtociowych lub wagowych
   zuywanego oleju biodegradowalnego do smarowania pi acuchowych
   bdzie przewidywana masa pozyskania w m³ wynikajca z planu pozyskania
   drewna, przy uwzgldnieniu poniszych norm:
    przy uyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m³ pozyskiwanego drewna,
    przy uyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m³ pozyskiwanego
   drewna.
   7) Na kade danie Zamawiajcego Wykonawca zobowizany bdzie
   przedstawi faktury zakupowe oleju wraz z Kart charakterystyki
   preparatu niebezpiecznego potwierdzajcego stopie biodegradowalnoci
   kupionego oleju, adekwatnie do iloci m³ pozyskanego drewna.
   Zamawiajcemu suy bdzie prawo do weryfikacji oleju uywanego do
   smarowania ukadów tncych, a Wykonawca zobowizany bdzie udostpni
   Zamawiajcemu moliwo pobrania próbek oleju w iloci niezbdnej do
   przeprowadzenia bada jego parametrów. Koszty bada laboratoryjnych
   pokryj:
    Zamawiajcy, jeeli parametr biodegradowalnoci jest nie niszy ni
   60 % wedug metodyki bada jak wskazano powyej,
    Wykonawca, jeeli parametr jest niszy ni 60 % wedug metodyki bada
   jak wskazano powyej.
   8) Wykonawca podczas wykonywania prac zobowizany bdzie posiada
   odpowiednie zestawy do pochaniania oleju, które znajduj si na
   wyposaeniu urzdze mechanicznych (harwester, forwarder, cignik,
   przyczepa z urzdzeniem dwigowym i inne, oraz pilarki w miejscu ich
   tankowania), a których uytkowanie moe spowodowa skaenie rodowiska
   olejem podczas wykonywania prac w lesie oraz podczas dojazdu i powrotu
   z powierzchni roboczej. Dopuszcza si posiadanie i uywanie przez
   pilarzy kanistrów z bezpiecznymi kocówkami (dozownikami),
   uniemoliwiajcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (przelanie)
   podczas tankowania pilarki (zastpczo za maty pochaniajce olej i
   paliwo).
   9) Wykonawca obowizany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
   dokona oznakowania pozycji zakazem wstpu zgodnie z art. 26 ustawy o
   lasach. W szczególnoci Wykonawca jest zobowizany do waciwego
   oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane
   bd prace obejmujce pozyskanie, zrywk drewna i rozdrabnianie
   pozostaoci pozrbowych oraz innych prac przewidzianych instrukcj
   wskazan w pkt 3.2. Lokalizacja tablic przed rozpoczciem prac wymaga
   uzgodnienia z waciwym leniczym.
   4.) Wykonawca moe powierzy realizacj czci przedmiotu zamówienia
   podwykonawcom. Zamawiajcy zastrzega obowizek osobistego wykonania
   przez wykonawc kluczowych czci zamówienia dla prac czyszczenia
   wczesne, czyszczenia póne, czyszczenia póne z pozyskaniem masy oraz
   trzebiee wczesne, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
   5.) W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa
   przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy
   o prac, Wykonawca gwarantuje, e osoby wykonujce przedmiot zamówienia
   bd zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
   Obowizek realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z
   Ofert, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac
   dotyczy równie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
   6.) Opcjonalnie Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy
   zakres rzeczowy obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w opisie
   przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest
   zobowizany do zlecenia prac objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy
   nie suy roszczenie o ich zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji
   mog zosta zlecone na warto do 20 % wartoci przedmiotu zamówienia
   okrelonej zgodnie z § 9 ust 1 wzoru umowy stanowicego zacznik nr 9
   do SIWZ.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400,
   77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 8 328 805,65 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 80
   2. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na
   podstawie umowy o prac. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   S.270.5.9.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [13]2015/S 216-394396 z dnia 7.11.2015
   Inne wczeniejsze publikacje
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [14]2015/S 228-415168 z dnia 25.11.2015
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [15]2015/S 220-401079 z dnia 13.11.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 1 - Nazwa: Cz 1 
   lenictwo: Kopaniewo
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: UL Marek Dyk; UL Mirosaw ycki
   Karsina 11; Ujazd 6/2
   76-010; 76-020 Polanow; Bobolice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 605 509,49 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 605 509,10 PLN
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 2 - Nazwa: Cz 2 
   lenictwo: Rosnowo
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: ZUL Mirosawa Prokopowicz; Pozyskanie Drewna i Zrywka
   Stanisaw Nogalski
   Nowosióki 1/2; Rosnowo 2/21
   76-020; 76-042 Bobolice; Rosnowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 679 930,87 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 679 523 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 3 - Nazwa: Cz 3 
   lenictwo: Kurozwcz
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: UL i T Waleria Grayna Podstawka; UL Tomasz Podstawka;
   FU-H DREWMIX Rafa Bprpwczak
   Pobd 17A; Pobd 17A; Dobrowo 13
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 778 114,71 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 778 083,02 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 4 - Nazwa: Cz 4 
   lenictwa: Dargi, Krpa
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: Roboty Ziemne i Budowa Dróg Hermantrans ukasz Herman;
   ZUL i Transportowych Leszek Kowalski; UL Wiesaw Gruca
   Tyczewo 3; Tyczewo 3; Dargi 21/1
   78-220; 78-220; 76-020 Tychowo; Tychowo; Bobolice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 855 370,70 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 855 328,05 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 5 - Nazwa: Cz 5 
   lenictwo: Pobd
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   7.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: FU-H DALLAS ukasz Borowczak; FU-H BOREX Radosaw
   Borowczak; ZUL Marian Borowczak
   Dobrowo 13; Dobrowo 16; Dobrowo 16
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 758 321,37 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 758 206,20 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 6 - Nazwa: Cz 6 
   lenictwo: Glinki
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: ZUL Robert Papuch; ZUL i T Micha Kuczmera
   Jatynia 1/2; Pobd 8
   76-020; 78-220 Bobolice; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 788 233,77 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 787 633,74 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 7 - Nazwa: Cz 7 
   lenictwa: Bukowo, Bbnica
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   7.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: ZUL Ryszard Grubalski; UL Ryszard Olender; FU-H
   DREWPOL Krzysztof Borowczak
   Bukowo 8/2; ul. A. Mickiewicza 8/3 16; Dobrowo 13
   78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 020 539,23 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 011 643,08 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 8 - Nazwa: Cz 8 
   lenictwa: Smcino, Dzicioowo
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: ZUL Sylwester Ponik; UL-T Tomasz Dygas
   Drzonowo 17/2; Ujazd 8/2
   78-220; 76-020 Tychowo; Bobolice
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 101 789,13 PLN
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 100 981,90 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 9 - Nazwa: Cz 9 
   lenictwa: Czarnikowo, Sadkowo
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   7.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: UL-T Zdzisaw i Andrzej Winiszewscy S.c.; UL Piotr
   Kuczmera
   Osówko 34; Pobd 8
   78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 898 037,05 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 895 685,70 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
   Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 10 - Nazwa: Cz 10 
   lenictwa: Nosibdy, Drzonowo
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   29.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum firm: ULiT Ryszard Pietrzak; ULiT Marek Matysiak
   Ubocze 1; ul. Polna 13
   78-450; 78-220 Grzmica; Tychowo
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 856 258,50 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 856 211,85 PLN
   Bez VAT
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których
   mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokoci 50 % wartoci
   poszczególnych czci zamówienia.
   Przy wyborze ofert w kadej czci zamówienia Zamawiajcy bdzie si
   kierowa nastpujcymi kryteriami oceny ofert:
   1) Cena  80 %,
   2) Realizacja przedmiotu zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na
   podstawie umowy o prac  20 %.
   Ocenie w ramach kryterium Cena podlega bdzie cena czna brutto
   podana w formularzu oferty dla danej czci zamówienia.
   W ramach kryterium Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób
   zatrudnionych na podstawie umowy o prac oceniane bdzie przyjcie
   przez Wykonawc zobowizania do realizacji przedmiotu zamówienia za
   pomoc osób wykazanych w rozdziale 6 pkt 3 tj. pilarzy (cz od 1 do
   10) lub osób do prac szkókarskich i nasiennictwa (cz 11)
   zatrudnionych na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisów Kodeksu
   pracy. Zasady realizacji tego zobowizania oraz zasady
   odpowiedzialnoci za jego niewykonanie zostay opisane we wzorze umowy
   stanowicym zacznik do SIWZ.
   Wykonawca zobowizany jest poda na formularzu oferty (zaczniki nr
   1.I. lub 1.II. do SIWZ) czn cen za wszystkie pozycje (prace)
   przewidziane w Kosztorysie Ofertowym dla czci, na któr skada swoj
   ofert.
   Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzce w skad
   czci zamówienia powinny by podane na Kosztorysie Ofertowym. Ceny
   jednostkowe pokrywaj wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwizane z
   realizacj danej czci zamówienia. Cena czna wynikajca z Kosztorysu
   Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzce w skad czci
   zamówienia powinna zosta przeniesiona do formularza oferty (zaczniki
   1.I. lub 1.II do SIWZ).
   Cen czn naley poda w zotych w kwocie brutto w odniesieniu do
   caego przedmiotu zamówienia w danej czci zamówienia, z dokadnoci
   do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
   zaokrgle) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie ofertowym (zacznik
   nr 1A.I.  1.A.XI do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
   Stawk podatku od towarów i usug (VAT) naley uwzgldni w wysokoci
   obowizujcej na dzie skadania ofert.
   Okrelony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia, postanowienia
   wynikajce z wzoru umowy zaczonego do SIWZ stanowi podstaw do
   obliczenia cen jednostkowych oraz ceny cznej wynikajcej z oferty.
   Na ofert skadaj si:
   a) formularz oferty (zaczniki nr 1.I. lub 1.II do SIWZ) wraz z
   Kosztorysem Ofertowym (zaczniki nr 1AI. -1A.XII do SIWZ);
   b) owiadczenie Wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu
   (zacznik nr 2 do SIWZ);
   c) owiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania
   z powodu niespenienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
   (zacznik nr 3 do SIWZ);
   d) owiadczenie w sprawie przynalenoci do grupy kapitaowej (wg wzoru
   stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ);
   e) aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   f) aktualne zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opaceniem podatków lub
   zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   g) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 i 1011 Pzp  wystawiona nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
   i) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrelonym
   w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp  wystawiona nie wczeniej ni 6 miesicy
   przed upywem terminu skadania ofert;
   k) wykaz usug (zacznik nr 6 do SIWZ) wraz z dowodami
   potwierdzajcymi, e zostay wykonane naleycie;
   l) wykaz urzdze technicznych dostpnych Wykonawcy wraz z informacj o
   podstawie dysponowania zasobami (zacznik nr 8 do SIWZ);
   ) wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonaniu zamówienia wraz z
   informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbdnych do
   wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci
   wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
   owiadczeniem, e osoby które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadaj wymagane uprawnienia
   (zacznik nr 7.I lub 7.II do SIWZ);
   m) informacja banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej,
   potwierdzajca wysoko posiadania rodków finansowych lub zdolno
   kredytow Wykonawcy wystawiana nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert;
   n) penomocnictwo, o ile ofert podpisuje penomocnik;
   o) pisemne zobowizania innych podmiotów do oddania do dyspozycji
   Wykonawcy niezbdnych zasobów na okres wykonywania zmówienia 
   wycznie w przypadku, jeeli Wykonawca wykaza, e przy realizacji
   zamówienia bdzie polega na zasobach innych podmiotów.
   Niektóre postanowienia umowy na cz od 1 do 10 (pozostae opisane w
   zaczniku 9.I i 9.II do SIWZ):
   Wskazany w SIWZ rozmiar prac wchodzcych w zakres Przedmiotu Umowy ma
   charakter szacunkowy. Rozmiar prac zleconych do wykonania moe by
   mniejszy od przedstawionego w SIWZ, co jednak nie moe by podstaw do
   jakichkolwiek roszcze w stosunku do Zamawiajcego. Zamawiajcy moe
   zleci zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak nie mniej ni
   70 % Wartoci Przedmiotu Umowy.
   Wykonawca przyjmuje do wiadomoci, e wskazana w SIWZ i zleceniu
   powierzchnia, na której bd realizowane prace z zakresu
   zagospodarowania lasu, jest powierzchni zredukowan, tzn., e w
   terenie moe by realizowana na powierzchni manipulacyjnej wikszej, na
   której s fragmenty, gdzie zabieg nie bdzie realizowany (np.
   pozostawione biogrupy drzew, bagna lub miejsca, gdzie zabieg nie bdzie
   wykonywany, bo jest na danym etapie rozwoju drzewostanu zbdny).
   Strony dopuszczaj sytuacj, w której w toku realizacji zlecenia moe
   doj do nieistotnych odchyle szczegóowych elementów przedmiotu
   zamówienia, np. dugo ogrodzenia ujtego w umowie bdzie po jego
   realizacji dusza lub krótsza, ni opisana w SIWZ nieistotnie mog
   iloci sadzonek oraz ich jako odbiega od zaoe ujtych w SIWZ dla
   danej lokalizacji itp. Odchylenia powyszego typu nie wymagaj aneksu
   do umowy. Jednoczenie odchylenia te nie mog doprowadzi do
   przekroczenia wartoci zamówienia.
   W przypadku wystpienia poaru Wykonawca zobowizany jest do
   zaniechania czynnoci zwizanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w
   zakresie, w jakim poar uniemoliwia realizacj Przedmiotu Umowy oraz
   do bezzwocznego zaalarmowania o powyszych zdarzeniach Stray
   Poarnej, Przedstawicieli Zamawiajcego oraz Punktu Alarmowo 
   Dyspozycyjnego Nadlenictwa.
   Zlecanie prac
   1. Wykonawca bdzie wykonywa Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych
   zlece przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiajcego (Zlecenie).
   Zlecenie okrela bdzie zakres prac do wykonania, termin ich
   realizacji, lokalizacj (adres leny), a w przypadku zaistnienia takiej
   potrzeby, równie szczególne wymagania, co do sposobu wykonania prac.
   Wykonaniem Zlecenia w zakresie dot. danej lokalizacji jest wykonanie
   zabiegu okrelonego w Zleceniu w tej lokalizacji. Podana w zleceniu
   ilo surowca drzewnego przeznaczonego do pozyskania i zrywki jest
   jedynie wielkoci orientacyjn. Uznaje si, e wykonanie zlecenia z
   zakresu pozyskania i zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie
   zrealizowania przez Wykonawc wszystkich prac i wypenienie wszystkich
   wymogów opisanych w SIWZ.
   2. Zamawiajcy dooy stara, aby warto prac bdcych przedmiotem
   Zlece w zakresie zrywki i pozyskania przypadajcych do wykonania w
   danym miesicu trwania Umowy nie przekroczya 20 % wartoci prac z
   zakresu pozyskania wchodzcych w skad Przedmiotu Umowy.
   3. Zamiany lokalizacji prac oraz zamiana zakresu prac objtych w umowie
   majce odzwierciedlenie w zleceniach wystawianych przez leniczego, po
   zaakceptowaniu przez Wykonawc, nie wymagaj dodatkowej formy pisemnej.
   4. Dopuszcza si, e w toku realizacji prac z zakresu pozyskania i
   zrywki drewna mog wystpi odchylenia do 10 % masy pomidzy sum
   Zlece w danym miesicu a wykonaniem.
   5. Wykonawca nie moe odmówi przyjcia Zlecenia, co nie uchybia
   postanowieniom ust. 12.
   6. Informacje o wystawieniu Zlecenia bd przekazywane Wykonawcy,
   zgodnie z wyborem Zamawiajcego, telefonicznie na numer
   ______________________, poczt elektroniczn na adres e-mail
   ____________ lub faxem na numer ________________. Zamawiajcy przekae
   Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi kadorazowo przyjcie
   Zlecenia poprzez jego podpisanie.
   7. Zlecenie stanowi protokó przekazania powierzchni, na których
   wykonywane s prace bdce przedmiotem Zlecenia. Od momentu przekazania
   powierzchni Wykonawca ponosi odpowiedzialno za szkody wyrzdzone
   Zamawiajcemu i osobom trzecim na przekazanej powierzchni.
   8. Wezwania do przyjcia Zlecenia bd przekazywane z co najmniej
   1-dniowym wyprzedzeniem, chyba, e Przedstawiciele Zamawiajcego i
   Wykonawcy zgodnie postanowi inaczej.
   9. Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustpami poprzedzajcymi,
   Wykonawca nie jest uprawniony, do wykonywania jakichkolwiek prac
   objtych Przedmiotem Umowy, z zastrzeeniem ust. 10.
   10. W przypadku koniecznoci natychmiastowego zlecenia prac
   Przedstawiciele Zamawiajcego moe przekaza Zlecenie telefonicznie na
   numer ______________________. Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie
   niezwocznie potwierdzone w sposób, o którym mowa w ust. 6.
   11. Dopuszcza si modyfikacj Zlecenia po jego przekazaniu, jeeli
   wystpi szczególne okolicznoci.
   12. Wykonawca niezwocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowizany jest
   informowa Zamawiajcego o wszelkich znanych mu przeszkodach
   uniemoliwiajcych lub utrudniajcych wykonanie Zlecenia.
   13. Zamawiajcy jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji
   przedmiotu Zlecenia, wstrzymania realizacji lub odwoania realizacji
   Zlecenia w przypadku zaistnienia niesprzyjajcych warunków
   przyrodniczych bd atmosferycznych, zmian na rynku sprzeday drewna
   lub powierzenia Zamawiajcemu nowych zada gospodarczych lub
   publicznych.
   Odbiory
   1. Odbiór prac objtych danym Zleceniem bdzie dokonywany w imieniu
   Zamawiajcego przez Przedstawicieli Zamawiajcego. Przedmiotem odbioru
   bd, w zalenoci od treci Zlecenia, wszystkie prace objte danym
   Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z
   zakresu pozyskania  równie cz pozycji.
   2. Odbiór bdzie obejmowa obmiar iloci wykonanych prac oraz ocen ich
   jakoci. Zasady odbioru prac dla poszczególnych prac okrela SIWZ.
   3. Wykonawca zobowizany jest zgosi Przedstawicielom Zamawiajcego
   zakoczenie prac stanowicych przedmiot Zlecenia, a w przypadku prac z
   zakresu pozyskania i zrywki drewna take zakoczenie prac na danej
   pozycji Zlecenia.
   4. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegajcymi si o
   udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wska oni
   czonka konsorcjum upowanionego do zgaszania i odbioru prac w imieniu
   wszystkich czonków konsorcjum.
   5. Zgoszenie, o którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane
   Przedstawicielowi Zamawiajcemu faxem lub poczt elektroniczn na
   numery lub adresy wskazane w SIWZ.
   6. W przypadkach uzgodnionych uprzednio z Przedstawicielami
   Zamawiajcego lub w przypadkach wskazanych w Zleceniu zgoszenie, o
   którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane Przedstawicielom Zamawiajcemu
   ustnie lub telefonicznie na numer wskazany w SIWZ. Zgoszenie
   przekazane ustnie lub telefoniczne zostanie niezwocznie potwierdzone w
   sposób, o którym mowa w ust. 5.
   7. Jeeli Wykonawca w terminie wynikajcym ze Zlecenia nie zgosi
   Zamawiajcemu o zakoczeniu prac stanowicych przedmiot Zlecenia, a w
   przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna take zakoczenia
   prac na danej pozycji Zlecenia, Zamawiajcy jest uprawniony wezwa
   Wykonawc do natychmiastowego dokonania zgoszenia, a w przypadku braku
   reakcji na takie wezwanie do dokonania odbioru w zakresie przez siebie
   okrelonym.
   8. Odbiór powinien zosta wyznaczony przez Przedstawicieli
   Zamawiajcego na termin nie póniejszy ni 5 dni roboczych od
   otrzymania zgoszenia, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca moe wzi
   udzia w odbiorze. Brak obecnoci Przedstawiciela Wykonawcy nie
   uniemoliwia dokonania odbioru przez Zamawiajcego
   9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego cz wolna od wad lub
   usterek, z zastrzeeniem postanowie SIWZ. W przypadku stwierdzenia
   nieprawidowoci w wykonaniu prac Zamawiajcy moe odmówi odebrania
   prac wykonanych wadliwie. Po upywie terminu wykonania Zlecenia,
   Zamawiajcy moe:
   1) naliczy Wykonawcy kar umown, zgodnie z SIWZ; albo
   2) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu
   Zlecenia lub jego czci w sposób wolny o wad lub usterek, a po jego
   bezskutecznym upywie odstpi od Umowy; albo
   3) zastpczo powierzy wykonanie prac niewykonanych naleycie na koszt
   Wykonawcy osobie trzeciej (Wykonanie Zastpcze).
   10. Odbiór prac bdzie dokumentowany:
   1) w przypadku dokonywania odbioru czci prac z zakresu pozyskania
   drewna  Rejestrem Odebranego Drewna (bdcym podstaw do sporzdzenia
   Protokou Odbioru Robót);
   2) w przypadku dokonywania odbioru czci prac z zakresu zrywki drewna
   Kwitem Zrywkowym (bdcym podstaw do sporzdzenia Protokou Odbioru
   Robót);
   3) w przypadkach innych ni wskazane w pkt 1 2  Protokoem Odbioru
   Robót.
   11. Protokó Odbioru Robót stanowi protokó zwrotu powierzchni, na
   których wykonywane byy prace bdce przedmiotem Zlecenia.
   12. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak równie
   wskazanie ewentualnych nieprawidowoci (wad) lub szkód wyrzdzonych w
   toku wykonywania prac bdzie nastpowaa na pimie.
   13. Strony ustalaj, i wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajcego
   w zwizku z Wykonaniem Zastpczym Zamawiajcy moe potrci z
   wynagrodzenia Wykonawcy. Jeeli potrcenie z wynagrodzenia Wykonawcy
   kosztów poniesionych przez Zamawiajcego w zwizku z Wykonaniem
   Zastpczym nie bdzie moliwe, Zamawiajcy moe koszty te zaspokoi z
   zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.
   Obowizki Wykonawcy w zakresie personelu dla czci od 1 do 10:
   1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczestwo i przestrzeganie
   przepisów i uregulowa prawnych obowizujcymi w Rzeczypospolitej
   Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki lenej oraz
   zasad i przepisów BHP i ppo. na terenie wykonywanych prac.
   2. Wykonawca obowizany jest zapewni udzia w wykonywaniu prac osób o
   odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel
   Wykonawcy) do zakresu prac objtych danym Zleceniem.
   3. Jeeli Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
   w zakresie pozyskania drewna przy pomocy pilarzy zatrudnionych na
   podstawie umowy o prac, Wykonawca gwarantuje, e ww. osoby wykonujce
   Przedmiot Umowy w powyszym zakresie bd zatrudnione przez niego lub
   podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
   4. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzcych w skad Personelu
   Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si
   wykonywa Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
   umowy o prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu kopie umów
   potwierdzon za zgodno z oryginaem o prac pracowników swoich lub
   podwykonawców.
   5. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
   osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany osób,
   o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajce co najmniej
   tak sam wiedz i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
   w SIWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca
   wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowizany jest powiadomi
   Zamawiajcego na pimie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
   prac wraz z dostarczeniem kopii zawiadcze o ukoczeniu z wynikiem
   pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilark.
   6. W przypadku zmiany skadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku,
   do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
   przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, przed
   dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca
   obowizany jest dostarczy Zamawiajcemu kopie umów o prac
   potwierdzone za zgodno z oryginaem z tymi osobami.
   7. Na kade danie Zamawiajcego  w terminie 14 dni od daty
   dorczenia wezwania  Wykonawca zobowizany jest dostarczy
   Zamawiajcemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie
   umowy o prac na stanowiskach pilarzy z powiadczeniem ich
   ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania
   zamówienia przez waciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg
   ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
   8. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7
   stanowi przypadek naruszenia obowizku realizacji Przedmiotu Umowy przy
   pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
   9. Wykonawca zobowizuje si dopuci do wykonywania poszczególnych
   prac osoby, które zgodnie z obowizujcymi przepisami posiadaj
   kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyy odpowiednie szkolenia i
   ukoczyy je z wynikiem pozytywnym, posiadaj wymagane zawiadczenia
   kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli
   Zamawiajcego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny by
   dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
   kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciele
   Zamawiajcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
   Wykonawc lub dania zaprzestania wykonywania tych prac przez tak
   osob. Powysze nie narusza uprawnie Zamawiajcego, o których mowa w
   SIWZ
   10. Wykonawca zobowizany jest poinformowa Personel Wykonawcy oraz
   podwykonawców o zagroeniach dla zdrowia i ycia istniejcych na
   terenie, na którym prace bd wykonywane, w szczególnoci o
   zagroeniach, przed którymi chroni ich bd rodki ochrony
   indywidualnej oraz przekaza informacje o tych rodkach i zasadach ich
   stosowania, jak równie o dziaaniach ochronnych i zapobiegawczych,
   jakie mog zosta podjte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych
   zagroe.
   11. Przedstawiciele Zamawiajcego uprawnieni s do weryfikacji
   tosamoci Personelu Wykonawcy uczestniczcego w realizacji prac.
   12. Realizacja przez Wykonawc Przedmiotu Umowy przy pomocy
   podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajcego.
   Wystpujc o wyraenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy
   przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskae osob podwykonawcy oraz
   szczegóowo okreli zakres prac, jaki zamierza powierzy temu
   podwykonawcy. Zamawiajcy jest uprawniony przed wyraeniem zgody da
   od Wykonawcy przedoenia informacji lub dokumentów dotyczcych:
   1) zdolnoci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia
   podwykonawcy zakresu rzeczowego,
   2) dysponowania personelem umoliwiajcym podwykonawcy realizacj
   planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
   3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje si podwykonawca,
   4) kopii umów o prac dla personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy
   Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy w zakresie
   pozyskania drewna przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
   prac i bdzie posikowa si pracownikami podwykonawcy.
   13. Jeeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
   Wykonawca powoywa si, na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
   w celu wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu, o których
   mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowizany wykaza
   Zamawiajcemu, i proponowany inny podwykonawca spenia je w stopniu
   nie mniejszym ni wymagany w trakcie postpowania o udzielenie
   zamówienia poprzedzajcego zawarcie Umowy.
   14. Wykonawca ma obowizek wyznaczenia koordynatora zgodnie z
   przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).
   Obowizki Wykonawcy w zakresie personelu dla czci 11:
   1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczestwo i przestrzeganie
   przepisów i uregulowa prawnych obowizujcymi w Rzeczypospolitej
   Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki lenej oraz
   zasad i przepisów BHP i ppo. na terenie wykonywanych prac.
   2. Wykonawca obowizany jest zapewni udzia w wykonywaniu prac osób o
   odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel
   Wykonawcy) do zakresu prac objtych danym Zleceniem.
   3. Jeeli Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
   w zakresie produkcji szkókarskiej przy pomocy pracowników
   zatrudnionych na podstawie umowy o prac, Wykonawca gwarantuje, e ww.
   osoby wykonujce Przedmiot Umowy w powyszym zakresie bd zatrudnione
   przez niego lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu
   Kodeksu pracy.
   4. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzcych w skad Personelu
   Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si
   wykonywa Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
   umowy o prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu kopie umów
   potwierdzon za zgodno z oryginaem o prac pracowników swoich lub
   podwykonawców.
   5. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
   osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany osób,
   o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajce co najmniej
   tak sam wiedz i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
   w SIWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca
   wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowizany jest powiadomi
   Zamawiajcego na pimie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
   prac wraz z dostarczeniem kopii zawiadcze o ukoczeniu z wynikiem
   pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilark.
   6. W przypadku zmiany skadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku,
   do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
   przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, przed
   dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca
   obowizany jest dostarczy Zamawiajcemu kopie umów o prac
   potwierdzone za zgodno z oryginaem z tymi osobami.
   7. Na kade danie Zamawiajcego  w terminie 14 dni od daty
   dorczenia wezwania  Wykonawca zobowizany jest dostarczy
   Zamawiajcemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie
   umowy o prac na stanowiskach pilarzy z powiadczeniem ich
   ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania
   zamówienia przez waciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg
   ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
   8. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7
   stanowi przypadek naruszenia obowizku realizacji Przedmiotu Umowy przy
   pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
   9. Wykonawca zobowizuje si dopuci do wykonywania poszczególnych
   prac osoby, które zgodnie z obowizujcymi przepisami posiadaj
   kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyy odpowiednie szkolenia i
   ukoczyy je z wynikiem pozytywnym, posiadaj wymagane zawiadczenia
   kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli
   Zamawiajcego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny by
   dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
   kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciele
   Zamawiajcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
   Wykonawc lub dania zaprzestania wykonywania tych prac przez tak
   osob. Powysze nie narusza uprawnie Zamawiajcego, o których mowa w
   SIWZ.
   10. Wykonawca zobowizany jest poinformowa Personel Wykonawcy oraz
   podwykonawców o zagroeniach dla zdrowia i ycia istniejcych na
   terenie, na którym prace bd wykonywane, w szczególnoci o
   zagroeniach, przed którymi chroni ich bd rodki ochrony
   indywidualnej oraz przekaza informacje o tych rodkach i zasadach ich
   stosowania, jak równie o dziaaniach ochronnych i zapobiegawczych,
   jakie mog zosta podjte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych
   zagroe.
   11. Przedstawiciele Zamawiajcego uprawnieni s do weryfikacji
   tosamoci Personelu Wykonawcy uczestniczcego w realizacji prac.
   12. Realizacja przez Wykonawc Przedmiotu Umowy przy pomocy
   podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajcego.
   Wystpujc o wyraenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy
   przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskae osob podwykonawcy oraz
   szczegóowo okreli zakres prac, jaki zamierza powierzy temu
   podwykonawcy. Zamawiajcy jest uprawniony przed wyraeniem zgody da
   od Wykonawcy przedoenia informacji lub dokumentów dotyczcych:
   1) zdolnoci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia
   podwykonawcy zakresu rzeczowego,
   2) dysponowania personelem umoliwiajcym podwykonawcy realizacj
   planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
   3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje si podwykonawca,
   4) kopii umów o prac dla personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy
   Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy w zakresie
   pozyskania drewna przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
   prac i bdzie posikowa si pracownikami podwykonawcy.
   13. Jeeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
   Wykonawca powoywa si, na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
   w celu wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu, o których
   mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowizany wykaza
   Zamawiajcemu, i proponowany inny podwykonawca spenia je w stopniu
   nie mniejszym ni wymagany w trakcie postpowania o udzielenie
   zamówienia poprzedzajcego zawarcie Umowy.
   14. Wykonawca ma obowizek wyznaczenia koordynatora zgodnie z
   przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).
   Ubezpieczenia
   1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawar
   umow ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (Ubezpieczenie OC) na
   sum ubezpieczenia nie mniejsz ni 300 000 PLN. W przypadku konsorcjum
   lub spóki cywilnej polisa musi by na czn kwot 300 000 PLN, w
   równej kwocie na kadego uczestnika.
   2. Wykonawca, a w przypadku konsorcjum lub spóki cywilnej, kady
   uczestnik Umowy, zobowizuje si do utrzymywania przez okres
   wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC Polis lub inny dokument
   potwierdzajcy kontynuacj ubezpieczenia od dnia nastpnego po dniu
   ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opacenia
   skadek na to ubezpieczenie Wykonawca bdzie przedkada Zamawiajcemu
   nie póniej ni na 14 dni przed dniem wyganicia poprzedniej umowy
   ubezpieczenia.
   3. Jeeli Wykonawca nie wykona obowizku, o którym, mowa w ust. 2,
   Zamawiajcy wedle swojego wyboru moe:
   1) odstpi od Umowy;
   2) ubezpieczy Wykonawc na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
   ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajcy potrci z wynagrodzenia, a gdyby
   potrcenie to nie byo moliwe  zaspokoi si z Zabezpieczenia.
   Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca,
   którego oferta zostaa uznana za najkorzystniejsz zobowizany jest
   dopeni nastpujcych formalnoci:
   1) dostarczy kopi umowy konsorcjum, jeeli zamówienie bdzie
   realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia;
   2) dostarczy kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem zawiadcze o
   ukoczeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu
   pracy pilark dla osób wskazanych w zaczniku nr 7 do SIWZ;
   3) dostarczy kopi potwierdzon za zgodno z oryginaem polisy od
   odpowiedzialnoci cywilnej okrelonej we wzorze umowy na warto 300
   000 PLN. W przypadku konsorcjum lub spóki cywilnej polisa musi by na
   czn kwot 300 000 PLN, w równej kwocie na kadego uczestnika;
   4) wnie wymagane zabezpieczanie naleytego wykonania umowy;
   5) dostarczy kopi umowy (zobowizanie o wspópracy) zawart z firm
   posiadajc uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skaonych
   olejami (w przypadku Wykonawcy wykonujcego zabiegi z uyciem rodków
   chemicznych umowa musi obejmowa odbiór oraz utylizacj zbdnych bd
   przeterminowanych rodków chemicznych, opakowa po nich itp.);
   6) w zakresie okrelonym w SIWZ dostarczy kopie umów o prac w
   przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiza si realizowa przedmiot
   zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
   Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowicy
   zacznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie zoonej
   oferty Wykonawcy. Zamawiajcy przewiduje moliwo zmian postanowie
   zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie, której
   dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystpienia co najmniej jednej z
   okolicznoci w niej wymienionych z uwzgldnieniem podanych we wzorze
   umowy warunków ich wprowadzenia.
   Jeeli Wykonawca, którego oferta zostaa wybrana, uchyla si od
   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi
   zamawiajcemu ww. dokumentów, zamawiajcy wybiera ofert
   najkorzystniejsz sporód pozostaych ofert, bez przeprowadzania ich
   ponownej oceny chyba, e zachodz przesanki, o których mowa w art. 93
   ust.1. ustawy Prawo zamówie publicznych.
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [16]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [17]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800/+48 224587803
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   wnosi si:
   1. w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
   zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli zostay
   przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni 
   jeeli zostay przesane w inny sposób.
   2. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
   postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
   wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si
   w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
   Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
   Zamówienia na stronie internetowej. Odwoanie wobec czynnoci innych
   ni w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito
   lub przy zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo
   o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [18]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [19]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800/+48 224587803
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - FR-Dünkirchen
Versicherungen
Dokument Nr...: 30173-2016 (ID: 2016012809194469152)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FR-Dünkirchen: Versicherungen
   2016/S 19/2016 30173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Dunkerque
   place Charles Valentin, BP 6.537
   Zu Händen von: M. le maire
   59386 Dunkerque Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 28262872
   E-Mail: [4]marches.publics@ville-dunkerque.fr
   Fax: +33 28262420
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://marches-securises.fr/perso/flandre-dunkerque/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66510000
   Beschreibung
   Versicherungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 16003 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SMACL Assurance
   145 rue Salvator Allendé
   79031 Niort Cedex 9
   FRANKREICH
   E-Mail: [6]appeloffre@smacl.fr
   Telefon: +33 5493255656
   Fax: +33 549734720
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 956 EUR
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 16004 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   GRAS Savoie mandataire de la compagnie AXA ART
   Immeuble Quai 33  33 quai de Dion-Bouton  CS 70001
   92814 Puteaux Cedex
   FRANKREICH
   E-Mail: [7]olivier.porte@grassavoye.com
   Telefon: +33 141435550
   Fax: +33 141436958
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 13 752 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:marches.publics@ville-dunkerque.fr?subject=TED
   5. http://marches-securises.fr/perso/flandre-dunkerque/
   6. mailto:appeloffre@smacl.fr?subject=TED
   7. mailto:olivier.porte@grassavoye.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer - FR-Nogent-sur-Seine
Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
Dokument Nr...: 30273-2016 (ID: 2016012809204669232)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  FR-Nogent-sur-Seine: Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
   2016/S 19/2016 30273
   Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Nogent-sur-Seine
   27 grande rue Saint-Laurent
   Zu Händen von: M. Fadin Hugues, maire
   10400 Nogent-sur-Seine
   FRANKREICH
   Telefon: +33 325394209
   Fax: +33 325399874
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://nogent-sur-seine.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60170000
   Beschreibung
   Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Les CARS Moreau
   12 rue du 19 Mars
   77480 Fontaine-Fourches
   FRANKREICH
   Telefon: +33 164018205
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51000 Châlons-en-Champagne
   Telefon: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51000 Châlons-en-Champagne
   Telefon: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
References
   5. http://nogent-sur-seine.fr/
OT: 28/01/2016    S19    - - Services - Avis en cas de transparence ex ante
   volontaire - Attribution de marché sans publication préalable
   France-Nogent-sur-Seine: Location de véhicules de transport de
   personnes avec chauffeur
   2016/S 019-030273
   Avis en cas de transparence ex ante volontaire
   Le présent avis est couvert par: la directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Nogent-sur-Seine
   27 grande rue Saint-Laurent
   À l'attention de: M. Fadin Hugues, maire
   10400 Nogent-sur-Seine
   FRANCE
   Téléphone: +33 325394209
   Fax: +33 325399874
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice:
   [6]http://nogent-sur-seine.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   1.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs/entités adjudicatrices
   Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte
   d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la commune 
   mai 2016.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 20: Services annexes et auxiliaires des
   transports
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la commune 
   mai 2016.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60170000
   II.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
   au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
   section 2 de lannexe D1, D2 ou D3, selon le cas)
   Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   Autre justification de lattribution du marché sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE
   Le marché a pour objet des services figurant à lannexe II B de la
   directive
   Ce marché, d'un montant inférieur aux seuils fixés par la directive
   2004/18 pour les pouvoirs adjudicateurs, est passé selon une procédure
   adaptée pour laquelle la publication préalable d'un avis de marché au
   JOUE n'est pas obligatoire.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire
   justificatif à produire par le candidat. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur/l'entité adjudicatrice
   201515-200AH
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la
   commune  mai 2016
   V.1)Date d'attribution du marché:
   21.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues:2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Les CARS Moreau
   12 rue du 19 Mars
   77480 Fontaine-Fourches
   FRANCE
   Téléphone: +33 164018205
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-172485, mise en ligne le 17.11.2015.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51000 Châlons-en-Champagne
   Téléphone: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
   25 rue du Lycée
   51000 Châlons-en-Champagne
   Téléphone: +33 326668687
   Fax: +33 326210187
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - PL-Danzig
Elektrizität
Dokument Nr...: 30373-2016 (ID: 2016012809215969338)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  PL-Danzig: Elektrizität
   2016/S 19/2016 30373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Zakad Komunikacji Miejskiej w Gdasku Sp. z o.o.
   ul. Jakowa Dolina 2
   Zu Händen von: Dariusz Gadykowski
   80-252 Gdask
   POLEN
   Telefon: +48 583412963
   E-Mail: inwestycje@zkm.pl.
   Fax: +48 583412963
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.zkm.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09310000
   Beschreibung
   Elektrizität.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 4 246 256,43 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   PGE Obrót S.A.
   ul. 8-go Marca 6
   35-959 Rzeszów
   POLEN
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 226 280 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 246 256,43 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 01
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. http://www.zkm.pl/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit - MK-Skopje
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Dokument Nr...: 30473-2016 (ID: 2016012809231969439)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
  MK-Skopje: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
   2016/S 19/2016 30473
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   City of Skopje
   bul. Ilinden 82
   Zu Händen von: Bojan Saveski
   1000 Skopje
   EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
   Telefon: +389 23297222 / 23297349
   E-Mail: [4]javninabavki@skopje.gov.mk
   Fax: +389 23297292
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.skopje.gov.mk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79000000
   Beschreibung
   Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting,
   Einstellungen, Druck und Sicherheit.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:javninabavki@skopje.gov.mk?subject=TED
   5. http://www.skopje.gov.mk/
OT: 28/01/2016    S19    - - Services - Contract notice - Open procedure
   Former Yugoslav Republic of Macedonia-Skopje: Business services: law,
   marketing, consulting, recruitment, printing and security
   2016/S 019-030473
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   City of Skopje
   bul. Ilinden 82
   For the attention of: Bojan Saveski
   1000 Skopje
   FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
   Telephone: +389 23297222 / 23297349
   E-mail: [6]javninabavki@skopje.gov.mk
   Fax: +389 23297292
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.skopje.gov.mk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Printing of the informative newsletter of the City of Skopje.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 15: Publishing and printing services on a fee or
   contract basis
   NUTS code MK
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Printing of the informative newsletter of the City of Skopje.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   79000000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.1.8)Lots
   II.1.9)Information about variants
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   Estimated value excluding VAT: 4 285 714 MKD
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   Warranty for the bid: Yes (3 %)
   Warranty for qualitative performance of the contract: Yes (10 %).
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: In order to prove its personal status, the
   economical operator should submit the following documents:
    statement of the economic operator stating that no effective verdict
   has been pronounced in the past 5 years for participation in criminal
   organization, corruption, fraud or money laundering,
    confirmation that no bankruptcy procedure has been initiated by a
   competent authority,
    confirmation that no liquidation procedure has been initiated by a
   competent authority,
    confirmation for paid taxes, contributions and other public fees from
   the authority competent in the country where the economic operator has
   been registered,
    confirmation from the Registry for penalties for committed criminal
   acts of the legal entities stating that no secondary penalty, ban on
   participation in open call procedures, on awarding of contracts for
   public procurement and contracts on public-private partnership has been
   pronounced,
    confirmation from the Registry for penalties for committed criminal
   acts of the legal entities stating that no secondary penalty, temporary
   penalty or permanent ban on the performance of particular activity has
   been pronounced,
    confirmation stating that no misdemeanour sanction  ban on the
   performance of the profession, activity or obligation, i.e. temporary
   ban on the performance of a particular activity has been pronounced
   with the effective verdict.
   Capability for performing professional activity of the economical
   operator:
    document for registered professional activity (DRA form).
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   Lowest price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: yes
   Additional information about electronic auction: E auction.
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   15.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 15.2.2016 - 10:00
   Place:
   City of Skopje, barrack 13.
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   VI.2)Information about European Union funds
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: DK-Køge: - DK-Køge
Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen
Sporttraining oder Aerobic
Coaching
Dokument Nr...: 30573-2016 (ID: 2016012909014969621)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  DK-Køge:
   2016/S 20/2016 30573
   Vorinformation
   Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Køge Kommune
   Torvet 1
   Køge
   4600
   DÄNEMARK
   E-Mail: [5]indkoeb@indkoeb.dk
   NUTS-Code: DK021
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [6]www.koege.dk
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Kommunalbehörde
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Høring af Køge Kommunes udbud af personalepolitiske ordninger.
   Referenznummer der Bekanntmachung: 134849
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   85121270
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Køge Kommune sender herved materialet til Kommunens kommende udbud af
   personalepolitiske ordninger i høring. Med denne høring opfordrer Køge
   Kommune alle tilbudsgivere med interesse i det kommende udbud til at
   kommenterer og stille spørgsmål til det offentliggjorte materiale.
   Køge Kommunes Personalepolitiske ordninger omfatter følgende områder:
    Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær
    Psykologisk krisehjælp
    Fysisk træning.
   Til at gennemfører høringen benytter Køge Kommune det elektroniske
   udbudssystem eu-supply.
   Interessenter kan kommenterer og sætte spørgsmål til materialet ved at
   benytte eu-supply's beskedfunktion. Alle spørgsmål, kommentarer og svar
   vil blive offentliggjort via eu-supply. Køge Kommune vil ved udløbet af
   høringsperioden uploade en samlet besvarelse af alle indkomne
   spørgsmål. Såfremt Køge Kommune finder det relevant, vil
   høringsperioden blive forlænget.
   Nærmere oplysninger om eu-supply findes i forhåndmeddelelsens del
   VI.3).
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 4 150 000.00 DKK
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Psykologisk Krisehjælp.
   Los-Nr.: 2
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   85121270
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DK021
   Hauptort der Ausführung:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere, der har oplevet vold, trusler eller traumatiske
   hændelser til psykologisk krisehjælp. Krisehjælpen skal have fokus på
   at fastholde medarbejderen bedst muligt på
   arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Fysisk træning.
   Los-Nr.: 3
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   98336000
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DK021
   Hauptort der Ausführung:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere med fysisk belastende/nedslidende arbejde til
   fysisk træning hos en fysio-/ergoterapeut. Træningen skal have fokus på
   at fastholde medarbejderen bedst muligt på arbejdspladsen /
   arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær.
   Los-Nr.: 1
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   79998000
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DK021
   Hauptort der Ausführung:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere med forventet langtidssygefravær til en coaching.
   Coaching skal have fokus på at fastholde medarbejderen bedst muligt på
   arbejdspladsen / arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
   Auftragsbekanntmachung:
   01/03/2016
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i høringen, kræver
   det online registrering i det elektroniske udbudssystem system CTM
   (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når
   virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Køge
   Kommunes udbud og annonceringer.
   Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind og se
   udbudsmaterialet.
   Høringen kan tilgås gennem følgende link:
   [7]https://eu.eu-supply.com/koege.asp
   Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst
   EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til
   [8]support@eu-supply.com.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   27/01/2016
References
   5. mailto:indkoeb@indkoeb.dk?subject=TED
   6. http://www.koege.dk/
   7. https://eu.eu-supply.com/koege.asp
   8. mailto:support@eu-supply.com?subject=TED
OT: 29/01/2016    S20    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden
   indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse
   Danmark-Køge: Psykiater- eller psykologtjenester
   2016/S 020-030573
   Forhåndsmeddelelse
   Denne bekendtgørelse er kun vejledende
   Tjenesteydelser
   Direktiv 2014/24/EU
   Del I: Ordregivende myndighed
   I.1)Navn og adresser
   Køge Kommune
   Torvet 1
   Køge
   4600
   DANMARK
   E-mail: [5]indkoeb@indkoeb.dk
   NUTS-kode: DK021
   Internetadresse(r):
   Overordnet internetadresse: [6]www.koege.dk
   I.2)Fælles udbud
   I.3)Kommunikation
   Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
   I.4)Type ordregivende myndighed
   Regional eller lokal myndighed
   I.5)Hovedaktivitet
   Generelle offentlige tjenester
   Del II: Genstand
   II.1)Udbuddets omfang
   II.1.1)Betegnelse:
   Høring af Køge Kommunes udbud af personalepolitiske ordninger.
   Sagsnr.: 134849
   II.1.2)Hoved-CPV-kode
   85121270
   II.1.3)Kontrakttype
   Tjenesteydelser
   II.1.4)Kort beskrivelse:
   Køge Kommune sender herved materialet til Kommunens kommende udbud af
   personalepolitiske ordninger i høring. Med denne høring opfordrer Køge
   Kommune alle tilbudsgivere med interesse i det kommende udbud til at
   kommenterer og stille spørgsmål til det offentliggjorte materiale.
   Køge Kommunes Personalepolitiske ordninger omfatter følgende områder:
    Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær
    Psykologisk krisehjælp
    Fysisk træning.
   Til at gennemfører høringen benytter Køge Kommune det elektroniske
   udbudssystem eu-supply.
   Interessenter kan kommenterer og sætte spørgsmål til materialet ved at
   benytte eu-supply's beskedfunktion. Alle spørgsmål, kommentarer og svar
   vil blive offentliggjort via eu-supply. Køge Kommune vil ved udløbet af
   høringsperioden uploade en samlet besvarelse af alle indkomne
   spørgsmål. Såfremt Køge Kommune finder det relevant, vil
   høringsperioden blive forlænget.
   Nærmere oplysninger om eu-supply findes i forhåndmeddelelsens del
   VI.3).
   II.1.5)Anslået samlet værdi
   Værdi eksklusive moms: 4 150 000.00 DKK
   II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
   Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
   II.2)Beskrivelse
   II.2.1)Betegnelse:
   Psykologisk Krisehjælp.
   Delkontraktnr.: 2
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   85121270
   II.2.3)Udførelsessted
   NUTS-kode: DK021
   Hovedudførelsessted:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere, der har oplevet vold, trusler eller traumatiske
   hændelser til psykologisk krisehjælp. Krisehjælpen skal have fokus på
   at fastholde medarbejderen bedst muligt på
   arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Yderligere oplysninger
   II.2)Beskrivelse
   II.2.1)Betegnelse:
   Fysisk træning.
   Delkontraktnr.: 3
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   98336000
   II.2.3)Udførelsessted
   NUTS-kode: DK021
   Hovedudførelsessted:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere med fysisk belastende/nedslidende arbejde til
   fysisk træning hos en fysio-/ergoterapeut. Træningen skal have fokus på
   at fastholde medarbejderen bedst muligt på arbejdspladsen /
   arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Yderligere oplysninger
   II.2)Beskrivelse
   II.2.1)Betegnelse:
   Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær.
   Delkontraktnr.: 1
   II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
   79998000
   II.2.3)Udførelsessted
   NUTS-kode: DK021
   Hovedudførelsessted:
   Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
   lokaler til rådighed.
   Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
   leverandørens lokaler.
   II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
   Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
   visitere medarbejdere med forventet langtidssygefravær til en coaching.
   Coaching skal have fokus på at fastholde medarbejderen bedst muligt på
   arbejdspladsen / arbejdsmarkedet.
   II.2.14)Yderligere oplysninger
   II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
   01/03/2016
   Del IV: Procedure
   IV.1)Beskrivelse
   IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
   Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
   Del VI: Supplerende oplysninger
   VI.3)Yderligere oplysninger:
   Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i høringen, kræver
   det online registrering i det elektroniske udbudssystem system CTM
   (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når
   virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Køge
   Kommunes udbud og annonceringer.
   Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind og se
   udbudsmaterialet.
   Høringen kan tilgås gennem følgende link:
   [7]https://eu.eu-supply.com/koege.asp
   Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst
   EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til
   [8]support@eu-supply.com.
   VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
   27/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von Zentralheizungen - DE-Friedberg
Installation von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 30673-2016 (ID: 2016012909034369744)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  DE-Friedberg: Installation von Zentralheizungen
   2016/S 20/2016 30673
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale
   Vergabe
   Schützenrain 5-7
   61169 Friedberg
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [6]info.vergabe-fb@hbm.hessen.de
   Fax: +49 6031/167-126
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe.hessen.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [9]www.vergabe.hessen.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   OV-Heizung-2.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   34119 Kassel, Goethestraße 41  43.
   NUTS-Code DE7
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (DIN 18 380);
   A.0454.127292, KS, Goethestraße 41, Umbau Gerichte.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45331100
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   1 St. Heizkreisverteiler 14 Stutzen einschl. Zubehör;
   6 St. Heizkreise einschl. Zubehör;
   1 St. Enthärtungsanlage einschl. Zubehör;
   5 280 lfdm Heizungsleitungen DN 15  125 einschl. Zubehör;
   305 Flachheizkörper einschl. Zubehör;
   68 St. Röhrenheizkörper einschl. Zubehör;
   1 St. Luftschleieranlage einschl. Zubehör;
   1 St. Winterbaubeheizung.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 6.6.2016. Abschluss 28.7.2017
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der
   Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000
   EUR beträgt.
   Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der
   Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
   des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
   Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
   Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
   bei: [10]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
   Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:
   Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Keine.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
   des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
   Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
   Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
   bei: [11]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
   Siehe Punkt III.2.1).
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für
   Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
   (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
   nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
   Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
   nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
   Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
   Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
   Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
   bei: [12]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
   Siehe Punkt III.2.1).
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   VG-0454-2016-0074
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [13]2015/S 135-248816 vom 16.7.2015
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 5.2.2016
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 49 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Die Kostenpflicht besteht nur für
   Anforderungen in Papierform bzw. auf Datenträger, für das Herunterladen
   der Vergabeunterlagen von der elektronischen Vergabeplattform
   [14]www.vergabe.hessen.de wird kein Entgelt erhoben.Empfänger: HCC 
   HBM, Geldinstitut: Landesbank Hessen  Thüringen, IBAN: DE43 5005 0000
   0001 0055 03, BIC: HELADEFFXXX. Als Verwendungszweck ist anzugeben:
   Vergabenr. VG-0454-2016-0074.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   3.3.2016 - 09:30
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 30.5.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 3.3.2016 - 9:30
   Ort:
   Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte, Zentrale
   Vergabe, Schützenrain 5-7, 61169 Friedberg.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
   und deren bevollmächtigte Vertreter.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf
   die Rügepflichten gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird
   ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 107 Abs. 3
   Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit
   nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht
   abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   26.1.2016
References
   6. mailto:info.vergabe-fb@hbm.hessen.de?subject=TED
   7. http://www.vergabe.hessen.de/
   8. http://www.vergabe.hessen.de/
   9. http://www.vergabe.hessen.de/
  10. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
  11. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
  12. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
  13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248816-2015:TEXT:DE:HTML
  14. http://www.vergabe.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Stromversorgung - PL-Krakau
Stromversorgung
Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
Dokument Nr...: 3073-2016 (ID: 2016010609104140434)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  PL-Krakau: Stromversorgung
   2016/S 3/2016 3073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Rejonowy Zarzd Infrastruktury
   ul. Mogilska 85
   Zu Händen von: Agnieszka Nowak
   30-901 Kraków
   POLEN
   Telefon: +48 261131040
   E-Mail: [4]rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl
   Fax: +48 261131306
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.rzikrakow.wp.mil.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   65310000, 09300000
   Beschreibung
   Stromversorgung.
   Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Tauron Dystrybucja S.A.
   ul. Jasnogórska 11
   31-358 Kraków
   POLEN
   E-Mail: [6]info@tauron-dystrybucja.pl
   Telefon: +48 12612193
   Internet-Adresse: [7]www.tauron-dystrybucja.pl
   Fax: +48 122612019
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl?subject=TED
   5. http://www.rzikrakow.wp.mil.pl/
   6. mailto:info@tauron-dystrybucja.pl?subject=TED
   7. http://www.tauron-dystrybucja.pl/
OT: 06/01/2016    S3    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Polska-Kraków: Przesy energii elektrycznej
   2016/S 003-003073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Rejonowy Zarzd Infrastruktury
   ul. Mogilska 85
   Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
   30-901 Kraków
   POLSKA
   Tel.: +48 261131040
   E-mail: [6]rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl
   Faks: +48 261131306
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.rzikrakow.wp.mil.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: pastwowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci
   prawnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: zarzdzanie nieruchomociami na zlecenie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dystrybucja energii elektrycznej do 35 obiektów zarzdzanych przez
   Rejonowy Zarzd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85- obiekt przy
   ul. Gowackiego 11, 30-085 Kraków.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Kraków.
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usug dystrybucji energii
   elektrycznej do obiektu zarzdzanego przez Rejonowy Zarzd
   Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85  obiekt przy ul.
   Gowackiego 11, 30-085 Kraków.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   65310000, 09300000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
   o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
   Dyrektywa 2004/18/WE
   1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
   publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
   dyrektywy 2004/18/WE
   Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
   tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
   technicznych
   Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej rki na
   podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w zwizku z art. 67 ust. 3 pkt 1
   lit. e ustawy Prawo zamówie publicznych. Usuga moe by wiadczona
   tylko przez lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej z przyczyn
   technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest
   usuga przesyowa energii elektrycznej. Zamówienie moe by
   zrealizowane tylko przez lokalnego dystrybutora, tj. TAURON Dystrybucja
   S.A. z siedzib w Krakowie, który jest Operatorem Systemu
   Dystrybucyjnego na terenie województwa maopolskiego.
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   56/2015/ZP
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Nazwa: Dystrybucja enegii elektrycznej do 35 obiektów zarzdzanych
   przez Rejonowy Zarzd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 
   obiekt przy ul. Gowackiego 11, 30-085 Kraków
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Tauron Dystrybucja S.A.
   ul. Jasnogórska 11
   31-358 Kraków
   POLSKA
   E-mail: [8]info@tauron-dystrybucja.pl
   Tel.: +48 12612193
   Adres internetowy: [9]www.tauron-dystrybucja.pl
   Faks: +48 122612019
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten - FR-Villeneuve-d´Ascq
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 30773-2016 (ID: 2016012909053469868)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  FR-Villeneuve-d´Ascq: Bauarbeiten
   2016/S 20/2016 30773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Vilogia
   74 rue Jean Jaurès, CS 10430
   Zu Händen von: Julien Dieu
   59664 Villeneuve-d'Ascq
   FRANKREICH
   Telefon: +33 359356158
   E-Mail: [4]julien.dieu@vilogia.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.vilogia.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 125 000 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1666 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   BATI RENOV
   20 rue Christophe Colomb
   94310 Orly
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 125 000 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:julien.dieu@vilogia.fr?subject=TED
   5. http://www.vilogia.fr/
OT: 29/01/2016    S20    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Attribution de marché sans publication préalable
   France-Villeneuve-d'Ascq: Travaux de construction
   2016/S 020-030773
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Vilogia
   74 rue Jean Jaurès, CS 10430
   À l'attention de: Julien Dieu
   59664 Villeneuve-d'Ascq
   FRANCE
   Téléphone: +33 359356158
   E-mail: [6]julien.dieu@vilogia.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.vilogia.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: SA HLM
   I.3)Activité principale
   Logement et équipements collectifs
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   AO 1666  construction de 3 logements + réhabilitation de 8 logements à
   Levallois Perret.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Code NUTS FR1
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   AO 1666  construction de 3 logements + réhabilitation de 8 logements à
   Levallois Perret.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45000000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 1 125 000 EUR
   Hors TVA
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
   au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
   section 2 de lannexe D1)
   Justification de lattribution du marché sans publication préalable
   dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
   Directive 2004/18/CE
   1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE
   Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
   Le marché ne relève pas du champ d'application de la directive
   communautaire, le montant du marché étant inférieur au seuil de 5 186
   000 EUR HT.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Offre de prix. Pondération 60
   2. Valeur technique de l'offre. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   1666
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis en cas de transparence ex ante volontaire
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2016/S 10-012751 du 15.1.2016
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 1666 Lot nº: 1 - Intitulé: TCE
   V.1)Date d'attribution du marché:
   12.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   BATI RENOV
   20 rue Christophe Colomb
   94310 Orly
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 1 125 000 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance de Lille
   13 avenue du Peuple Belge
   59000 Lille
   FRANCE
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kücheneinrichtungen - SE-Kungsängen
Kücheneinrichtungen
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
Küchenbedarf
Geschirr
Lebensmittelbehälter
Wasserkanister
Isolierflaschen
Tabletts
Küchenutensilien
Löffel, Gabeln
Dokument Nr...: 30873-2016 (ID: 2016012909062169964)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  SE-Kungsängen: Kücheneinrichtungen
   2016/S 20/2016 30873
   Upplands-Bro kommun, 212000-0100, Furuhällsplan 1, Zu Händen von: Linda
   Henriksson, Kungsängen 196 81, SCHWEDEN. E-Mail:
   linda.henriksson@upplands-bro.se
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 27.1.2016, [1]2016/S
   018-027450)
   Betr.:
   CPV:39221000, 39220000, 39221100, 39221110, 39221130, 39221140,
   39221150, 39221160, 39221180, 39223000
   Kücheneinrichtungen
   Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
   Küchenbedarf
   Geschirr
   Lebensmittelbehälter
   Wasserkanister
   Isolierflaschen
   Tabletts
   Küchenutensilien
   Löffel, Gabeln
   Anstatt:
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   31.3.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   29.6.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   1.4.2016
   muss es heißen:
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   10.3.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   8.6.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   .
   Weitere zusätzliche Informationen
   Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:027450-2016:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
OT: 29/01/2016    S20    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet
   förfarande
   Sverige-Kungsängen: Köksutrustning
   2016/S 020-030873
   Upplands-Bro kommun, 212000-0100, Furuhällsplan 1, Att: Linda
   Henriksson, Kungsängen 196 81, SVERIGE. E-post:
   linda.henriksson@upplands-bro.se
   (Tillägg till Europeiska unionens officiella tidnin, 27.1.2016,
   [1]2016/S 018-027450)
   Angående:
   CPV:39221000, 39220000, 39221100, 39221110, 39221130, 39221140,
   39221150, 39221160, 39221180, 39223000
   Köksutrustning
   Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
   Köksgeråd
   Porslin
   Matbehållare
   Vattenbehållare
   Termosflaskor
   Brickor
   Köksredskap
   Skedar, gafflar
   I stället för:
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   31.3.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   29.6.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   1.4.2016
   Skall det stå:
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   10.3.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   8.6.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   .
   Övriga ytterligare upplysningar
   Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gardinen - UK-Edinburgh
Gardinen
Sichtschutz
Innenausstattungsartikel
Innenausstattungsartikel aus Textilstoffen
Dokument Nr...: 30973-2016 (ID: 2016012909224871419)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  UK-Edinburgh: Gardinen
   2016/S 20/2016 30973
   Vorinformation
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   The Common Services Agency (more commonly known as NHS National
   Services Scotland) (the Authority)
   Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
   Kontaktstelle(n): National Procurement
   Zu Händen von: Sharon Muir
   EH12 9EB Edinburgh
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1698794467
   E-Mail: [3]sharon.muir@nhs.net
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.
   aspx?ID=AA11883
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   39515100, 39515400, 39516000, 39516100
   Beschreibung
   Gardinen .
   Sichtschutz .
   Innenausstattungsartikel .
   Innenausstattungsartikel aus Textilstoffen .
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren
   27.4.2016
References
   3. mailto:sharon.muir@nhs.net?subject=TED
   4. http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
   5. http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883
OT: 29/01/2016    S20    - - Supplies - Prior Information Notice without
   call for competition - Not applicable
   United Kingdom-Edinburgh: Curtains
   2016/S 020-030973
   Prior information notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   The Common Services Agency (more commonly known as NHS National
   Services Scotland) (the Authority)
   Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
   Contact point(s): National Procurement
   For the attention of: Sharon Muir
   EH12 9EB Edinburgh
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1698794467
   E-mail: [5]sharon.muir@nhs.net
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [6]http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
   Address of the buyer profile:
   [7]http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.
   aspx?ID=AA11883
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Health
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: yes
   NHS Ayrshire and Arran
   NHS Borders
   NHS Dumfries and Galloway
   NHS Fife
   NHS Forth Valley
   NHS Grampian
   NHS Greater Glasgow and Clyde
   NHS Highland
   NHS Lanarkshire
   NHS Lothian
   NHS National Waiting Times Centre
   NHS Orkney
   NHS Shetland
   NHS Tayside
   NHS Western Isles
   NHS Education for Scotland
   NHS 24
   Scottish Ambulance Service
   The State Hospitals Board for Scotland
   Healthcare Improvement Scotland
   NHS Health Scotland
   The Common Services Agency for the Scottish Health Service
   Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
   II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   NP801/16 Curtains and Blinds.
   II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
   Supplies
   Any or all locations of all NHS Scotland Health Boards, all NHS
   Scotland Special Health Boards and/or the Authority or other NHS
   organisation established pursuant to the NHS (Scotland) Act 1978
   (altogether hereinafter referred to as NHS Scotland).
   NUTS code UKM
   II.3)Information on framework agreement
   II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
   services:
   Supply and fitting of Curtains and Blinds to NHS sites across mainland
   Scotland and islands.
   II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   39515100, 39515400, 39516000, 39516100
   II.6)Scheduled date for start of award procedures
   27.4.2016
   II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.8)Additional information:
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   TBC.
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Information about reserved contracts
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   VI.2)Additional information:
   We intend to hold market engagement meetings during February 2016, when
   further information will be available from the commodity manager.
   Please email [8]sharon.muir@nhs.net to state your interest in this
   tender and arrange a meeting.
   (SC Ref: 428227).
   VI.3)Information on general regulatory framework
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten - DE-Bochum
Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten
Dokument Nr...: 31073-2016 (ID: 2016012909100670187)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  DE-Bochum: Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten
   2016/S 20/2016 31073
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Bochum, Zentrale Dienste, Einkauf
   Willy-Brandt-Platz 2-6
   Kontaktstelle(n): ZD 21 Einkauf
   Zu Händen von: Frau Ulrike Malig
   44777 Bochum
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 2349104448
   E-Mail: [6]umalig@bochum.de
   Fax: +49 234910794448
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.bochum.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [8]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Vergabemarktplatz
   DEUTSCHLAND
   Internet-Adresse: [9]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Stadt Bochum 
   Zentrale Dienste  ZD 21
   44777 Bochum
   DEUTSCHLAND
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: ja
   Interkommunaler Einkauf für Bochum, Dortmund, Essen und Hagen
   Willy-Brandt-Platz 2-6
   44777 Bochum
   DEUTSCHLAND
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Lieferung von Hygienepapier für die Städte Dortmund, Essen, Hagen und
   Bochum im Zeitraum vom 1.4.2016  31.3.2017.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Stadt Bochum, Zentrale Dienste,
   Herner Str. 146,
   44809 Bochum,
   Stadt Dortmund, Stadt Essen, Stadt Hagen.
   Weitere Leistungsorte:
   1. Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum,
   Viktoriastr. 15,
   44135 Dortmund.
   2. Stadt Essen, Amt für Zentralen Service,
   Rathaus Porscheplatz,
   45121 Essen.
   3. Stadt Hagen, Zentraler Technischer Service,
   Rathausstr. 11,
   58095 Hagen.
   NUTS-Code DEA51,DEA13,DEA52,DEA53
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Lieferung von ca. 1 710 720 Rollen Toilettenpapier und ca. 30 365
   Kartons Falthandtuchpapier an rd. 970 verschiedene Verwendungsstellen
   in den Stadtgebieten von Dortmund, Essen, Hagen und Bochum. Die
   Lieferungen haben auf mehrfachen Abruf im Vertragszeitraum zu erfolgen.
   Einzelheiten über die Bedingungen der beteiligten Städte sind den
   Ausschreibungsunterlagen bzw. den Angaben zu den Losen in dieser
   Auftragsbekanntmachung zu entnehmen. Die Vergabe erfolgt über 4
   Vergabelose (je Stadt ein Los). Es können daher auch Angebote für
   einzelne Lose abgegeben werden. Es ist mindestens ein Musterexemplar je
   angebotenem Produkt unter Angabe des Herstellers einzureichen.
   Unbemusterte Angebote werden nicht berücksichtigt.
   Die angegebenen Mengen können im Gesamtwert je Los um 20 % über- oder
   unterschritten werden.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33760000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Ca. 1 710 720 Rollen Toilettenpapier und ca. 30 365 Kartons
   Falthandtuchpapier in 4 Losen.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 1.4.2016. Abschluss 31.3.2017
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Stadt Essen
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapier an ca. 400 Bedarfsstellen.
   Eine Hauptlieferung, eine Zwischenlieferung und weitere Abrufe nach
   Bedarf.
   Besonderer Hinweis: Um Unfallgefahren weitgehend auszuschließen, dürfen
   die Pausenhöfe der Schulen bei Schulbeginn, in den Pausenzeiten und bei
   Schulschluss nicht  in Sonderfällen nur mit äußerster Vorsicht 
   befahren werden.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33760000
   3)Menge oder Umfang
   544 000 Rollen Toilettenpapier,
   7 000 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Stadt Dortmund
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapier an ca. 350 Bedarfsstellen.
   Direktbelieferung nach Auftragserteilung. Ca. 890 Abrufe nach Bedarf.
   Die Bestellung soll über das Lieferantenhandbuch der Stadt Dortmund
   abgewickelt werden (s. Anlage Lieferantenhandbuch der Stadt Dortmund,
   die den Angebotsunterlagen beigefügt sind). Die für diese Einstellung
   benötigten Daten sind unverzüglich nach Auftragserteilung vom
   Auftragnehmer bereitzustellen. Dabei sind die im beiliegenden
   Lieferantenhandbuch aufgeführten Anforderungen einzuhalten.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33760000
   3)Menge oder Umfang
   640 000 Rollen Toilettenpapier,
   14 700 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 3 Bezeichnung: Stadt Hagen
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung von Toilettenpapier an ca. 122 Bedarfstellen und Lieferung
   von Handtuchpapier an ca. 105 Bedarfsstellen. Die Auslieferung soll als
   einmalige Hauptlieferung nach Auftragserteilung erfolgen.
   Nachbestellungen erfolgen im Laufe des Abrufzeitraumes separat.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33760000
   3)Menge oder Umfang
   190 720 Rollen Toilettenpapier,
   3 415 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 4 Bezeichnung: Stadt Bochum
   1)Kurze Beschreibung
   Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapeir an ca. 100 Bedarfsstellen
   und das Materiallager der Stadt Bochum. Es erfolgen ca. 20 Abrufe.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33760000
   3)Menge oder Umfang
   336 000 Rollen Toilettenpapier,
   5 250 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Keine.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Die Zahlungs- und Lieferbedingungen der beteiligten Städte sind den
   Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Diese stehen Ihnen auf dem
   Vergabemarktplatz unter [10]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ zum
   Download zur Verfügung.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Mit Abgabe des Angebotes sind
   folgende Erklärungen abzugeben:
   * Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG-NRW zur Beachtung der
   ILO-Kernarbeitsnormen;
   * Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und
   Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Mit Unterzeichnung der ausgefüllten
   Eigenerklärung sind die formalen Voraussetzungen zur Erteilung dieses
   öffentlichen Auftrages erfüllt. Statt der Eigenerklärung wird auch die
   Einreichung eines gültigen Präqualifizierungsnachweises gem. § 7 (4) EG
   VOL/A anerkannt. Beruft sich der Bieter auf die Fähigkeiten eines
   anderen Unternehmens ist die Eigenerklärung oder der
   Präqualifizierungsnachweis dieses Unternehmens auf Verlangen
   vorzulegen.
   Die den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Eigenerklärung ist dem
   Angebot ausgefüllt und unterschrieben beizufügen.
   Mit der Eigenerklärung erklärt der Bieter u. a. den folgenden Inhalt:
   1. Hiermit erkläre ich, dass über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren
   oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt
   wurde; ich befinde mich auch nicht in Liquidation.
   2. Hiermit erkläre ich, dass ich keine Verfehlungen begangen habe, die
   zur Eintragung ins Vergaberegister bei der Informationsstelle für
   Vergabeausschlüsse des Landes Nordrhein-Westfalen nach
   Korruptionsbekämpfungsgesetz geführt haben.
   3. Hiermit erkläre ich, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss
   von der Vergabe öffentlicher Aufträge nach § 19 (1) des Gesetzes zur
   Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (MiLoG) für
   Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 21 (1 und 2) MiLoG nicht vorliegen.
   Ich bin nicht mit einer Geldbuße von mindestens 2 500 EUR belegt
   worden.
   (Hinweis: Bei Aufträgen ab 30 000 EUR netto holt die Stadt Bochum vor
   Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach §
   150a der Gewerbeordnung ein.)
   4. Hiermit erkläre ich, dass ich meiner Verpflichtung zur Zahlung von
   Steuern und Abgaben sowie von Sozialversicherungsbeiträgen nachkomme.
   5. Hiermit erkläre ich, dass ich keine Arbeitskräfte illegal
   beschäftige.
   6. Hiermit erkläre ich, dass ich die Regelungen des
   Arbeitnehmerentsendegesetzes beachte.
   7. Hiermit erkläre ich im Sinne des § 16 (5), Satz 1 Tariftreue- und
   Vergabegesetz NRW (TVgG), dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss
   vom Wettbewerb gemäß § 13 (1) TVgG nicht vorliegen. (Hinweis: Diese
   Erklärung ist von Bietern bzw. Teilnahmeinteressierten,
   Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften abzugeben.)
   8. Hiermit erkläre ich im Sinne des § 19 (1), Satz 3 TVgG, dass im
   Falle der Auftragserteilung bei Ausführung des Auftrags das allgemeine
   Gleichbehandlungsrecht beachtet wird. (Hinweis: Diese Erklärung ist von
   Bietern bzw. Teilnahmeinteressierten mit mehr als 20 Beschäftigten
   abzugeben; sofern Sie nicht mehr als 20 Beschäftigte haben, können Sie
   diese Erklärung auch streichen).
   Hinweis: Die Eigenerklärung dient auch als Checkliste zur Überprüfung
   der Vollständigkeit des Angebotes.
   Die Eigenerklärung steht Ihnen auf dem Vergabemarktplatz unter
   [11]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ zum Download zur Verfügung.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Preis Toilettenpapier. Gewichtung 60
   2. Reißfestigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 15
   3. Saugfähigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 15
   4. Griffigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 10
   5. Preis Handtuchpapier. Gewichtung 60
   6. Saugfähigkeit Handtuchpapier. Gewichtung 20
   7. Griffigkeit Handtuchpapier. Gewichtung 20
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   StBo ZD21 OV 04_2016
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 10.3.2016 - 23:59
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   10.3.2016 - 23:59
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 29.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   1. Unter [12]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ finden Sie weitere
   Informationen zum Verfahren. Dort können Sie
   die Vergabeunterlagen für das Angebotsverfahren kostenlos anfordern und
   herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen.
   2. Falls zum Verfahren Fragen auftreten, sind diese ausschließlich über
   die Kommunikationsebene der Vergabeplattform
   einzureichen. Ihre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden
   ausschließlich über die Kommunikationsebene allen
   interessierten Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung gestellt. Die
   Fragensteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym.
   3. Digitale Angebote sind nicht zugelassen. Die Angebote sind der Stadt
   Bochum auf dem Postweg im verschlossenen Umschlag mit der
   vorgeschriebenen Adressierung und Bezeichnung zuzusenden:
   Stadt Bochum, 44777 Bochum,
   Angebot -bitte nicht öffnen-, Vergabeverfahren: StBo ZD21
   OV 04_2016, Angebotsfrist: 10.3.2016.
   Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSY52U.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
   Albrecht-Thaer-Str. 9
   48147 Münster
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [13]vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
   Telefon: +49 2514111691
   Internet-Adresse: [14]http://www.bezreg-muenster.nrw.de
   Fax: +49 2514112165
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
   Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller
   den aus seiner Sicht erfolgten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht
   unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw.
   Angebotsfrist, gegenüber der Stadt Bochum gerügt hat oder mehr als 15
   Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Stadt Bochum, einer Rüge
   nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu im Einzelnen §
   107 (3) GWB mit den dort festgelegten Rügefristen).
   Die Stadt Bochum betrachtet eine Rüge als unverzüglich i. S. d.
   § 107 (3) Nr. 1 GWB, wenn der Bewerber/Bieter den vermeintlichen
   Verstoß innerhalb von 5 Kalendertagen ab Kenntniserlangung gerügt hat.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   25.1.2016
References
   6. mailto:umalig@bochum.de?subject=TED
   7. http://www.bochum.de/
   8. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
   9. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
  10. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
  11. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
  12. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
  13. mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de?subject=TED
  14. http://www.bezreg-muenster.nrw.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im Wohnungswesen - DE-Neuss
Dienstleistungen im Wohnungswesen
Dokument Nr...: 31173-2016 (ID: 2016012909110670289)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  DE-Neuss: Dienstleistungen im Wohnungswesen
   2016/S 20/2016 31173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Zentrale Vergabestelle
   Markt 2
   Kontaktstelle(n): Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Zentrale
   Vergabestelle
   Zu Händen von: Fr. Rütten, Fr. Thiem, Hrn. Ludwig
   41460 Neuss
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 2131902521
   E-Mail: [6]vergabe@stadt.neuss.de
   Fax: +49 2131902523
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe-neuss.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Errichtung von 2 Traglufthallen als Notunterkunft.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Neuss.
   NUTS-Code DEA1D
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Errichtung von 2 Traglufthallen.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   70333000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   5092 und 5093
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Bezeichnung: TH651/12/Bau-2015-016576
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   4.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Paranet Deutschland GmbH
   Kurfürstendamm 42
   10719 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [8]info@paranet-deutschland.de
   Telefon: +49 3088774363
   Fax: +49 30887743638
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
   Am Bonneshof 35
   40474 Düsseldorf
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [9]vergabekammer@bdr.nrw.de
   Telefon: +49 2114753131
   Internet-Adresse: [10]www.bezreg-duesseldorf.nrw.de
   Fax: +49 2114753989
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   26.1.2016
References
   6. mailto:vergabe@stadt.neuss.de?subject=TED
   7. http://www.vergabe-neuss.de/
   8. mailto:info@paranet-deutschland.de?subject=TED
   9. mailto:vergabekammer@bdr.nrw.de?subject=TED
  10. http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Fotokopierer - FR-Saint-Avé
Fotokopierer
Wartung von Fotokopiergeräten
Dokument Nr...: 31273-2016 (ID: 2016012909115070387)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  FR-Saint-Avé: Fotokopierer
   2016/S 20/2016 31273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Commune de Saint-Avé
   Mairie de Saint-Avé, place de l'Hôtel de Ville
   Zu Händen von: Madame le maire
   56890 Saint-Avé
   FRANKREICH
   Telefon: +33 297607010
   E-Mail: [4]fad@saint-ave.fr
   Fax: +33 297445891
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils: [5]https://marches.e-megalisbretagne.org
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30121100, 50313200
   Beschreibung
   Fotokopierer.
   Wartung von Fotokopiergeräten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2016-001
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   COPY Concept
   Zone de Bel Air, 11 rue de Bel Air
   29700 Pluguffan
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:fad@saint-ave.fr?subject=TED
   5. https://marches.e-megalisbretagne.org/
OT: 29/01/2016    S20    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Saint-Avé: Photocopieurs
   2016/S 020-031273
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Commune de Saint-Avé
   Mairie de Saint-Avé, place de l'Hôtel de Ville
   À l'attention de: Madame le maire
   56890 Saint-Avé
   FRANCE
   Téléphone: +33 297607010
   E-mail: [6]fad@saint-ave.fr
   Fax: +33 297445891
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur: [7]https://marches.e-megalisbretagne.org
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Achat de 3 copieurs et maintenance.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS FR524
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Achat de 3 copieurs et maintenance.
   Marché traité à prix forfaitaire pour l'achat des 3 copieurs et à prix
   unitaires pour la maintenance.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   30121100, 50313200
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestations. Pondération 60
   2. Valeur technique. Pondération 30
   3. Performances en matière de protection de l'environnement.
   Pondération 5
   4. Délai d'intervention. Pondération 5
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2016-001
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis en cas de transparence ex ante volontaire
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 247-449574 du 22.12.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2016-001 Intitulé: Achat de 3 copieurs et maintenance
   V.1)Date d'attribution du marché:
   8.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 5
   Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   COPY Concept
   Zone de Bel Air, 11 rue de Bel Air
   29700 Pluguffan
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Le marché est attribué à la société COPY Concept (29 Pluguffan) pour un
   montant total de 24 847,70 EUR HT comprenant l'acquisition des 3
   copieurs à 7 700 EUR HT et la maintenance sur 5 ans estimée à 17 147,70
   EUR HT.
   Le marché est consultable à l'adresse indiquée en entête dans le
   respect des secrets protégés par la loi.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   3 contour de la Motte
   35000 Rennes
   FRANCE
   Téléphone: +33 223212828
   Adresse internet: [9]http://rennes.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 299635684
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et
   des litiges relatifs aux marchés publics
   Immeuble Skyline 22, mail Pablo Picasso BP 24209
   44042 NANTES CEDEX 1
   FRANCE
   E-mail: [10]paysdl.ccira@directe.gouv.fr
   Téléphone: +33 2537983
   Fax: +33 2537979
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif
   3 contour de la Motte
   35000 Rennes
   FRANCE
   E-mail: [11]greffe.ta-rennes@juradm.fr
   Téléphone: +33 223212828
   Fax: +33 299635684
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kies, Sand, Schotter und Aggregate - SE-Göteborg
Kies, Sand, Schotter und Aggregate
Schotter und Kleinschlag
Makadam
Dokument Nr...: 31373-2016 (ID: 2016012909124970483)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  SE-Göteborg: Kies, Sand, Schotter und Aggregate
   2016/S 20/2016 31373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Göteborgs Stads Upphandlings AB
   Box 1111
   Zu Händen von: Carolina Engelbrektsson
   SE-405 23 Göteborg
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   14210000, 14212300, 14213100
   Beschreibung
   Kies, Sand, Schotter und Aggregate.
   Schotter und Kleinschlag.
   Makadam.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   NCC Roads Aktiebolag
   SE-170 80 Solna
   SCHWEDEN
   E-Mail: [5]goran.landgren@ncc.se
   Internet-Adresse: [6]www.ncc.se
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Skanska Asfalt och Betong AB
   Box 7073
   SE-350 07 Växjö
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [7]www.skanska.se
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Swerock Aktiebolag
   Box 1281
   SE-262 24 Ängelholm
   SCHWEDEN
   E-Mail: [8]info@swerock.se
   Internet-Adresse: [9]www.swerock.se
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sand- och grusaktiebolaget Jehander
   Box 47124
   SE-100 74 Stockholm
   SCHWEDEN
   E-Mail: [10]per.astrom@jehander.se
   Internet-Adresse: [11]www.jehander.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Skanska Asfalt och Betong AB
   Box 7073
   SE-350 07 Växjö
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [12]www.skanska.se
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se?subject=TED
   5. mailto:goran.landgren@ncc.se?subject=TED
   6. http://www.ncc.se/
   7. http://www.skanska.se/
   8. mailto:info@swerock.se?subject=TED
   9. http://www.swerock.se/
  10. mailto:per.astrom@jehander.se?subject=TED
  11. http://www.jehander.com/
  12. http://www.skanska.se/
OT: 29/01/2016    S20    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
   förfarande
   Sverige-Göteborg: Grus, sand, krossad sten och ballast
   2016/S 020-031373
   Meddelande om tilldelning av kontrakt
   Varor
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Göteborgs Stads Upphandlings AB
   Box 1111
   Att: Carolina Engelbrektsson
   SE-405 23 Göteborg
   SVERIGE
   E-post: [6]carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Benämning på upphandlingen
   Bergskrossprodukter.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Varor
   Köp
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Göteborg.
   NUTS-kod SE232
   II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Ramavtalen avser bergskrossprodukter såsom bärlager, slitlager,
   förstärkningslager och makadamprodukter m.m.
   II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   14210000, 14212300, 14213100
   II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion har använts: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
   278/15
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   Meddelande om upphandling
   Meddelandenummer i EUT: [7]2015/S 208-377188 av den 27.10.2015
   Avsnitt V: Kontraktstilldelning
   Kontrakt nr: 1 Benämning: NCC Roads Aktiebolag
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   11.12.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 5
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   NCC Roads Aktiebolag
   SE-170 80 Solna
   SVERIGE
   E-post: [8]goran.landgren@ncc.se
   Internetadress: [9]www.ncc.se
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 2 Benämning: Skanska Asfalt och Betong AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   11.12.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 5
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Skanska Asfalt och Betong AB
   Box 7073
   SE-350 07 Växjö
   SVERIGE
   Internetadress: [10]www.skanska.se
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 3 Benämning: Swerock Aktiebolag
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   11.12.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 5
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Swerock Aktiebolag
   Box 1281
   SE-262 24 Ängelholm
   SVERIGE
   E-post: [11]info@swerock.se
   Internetadress: [12]www.swerock.se
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 4 Benämning: Sand- och grusaktiebolaget Jehander
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   11.12.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 5
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Sand- och grusaktiebolaget Jehander
   Box 47124
   SE-100 74 Stockholm
   SVERIGE
   E-post: [13]per.astrom@jehander.se
   Internetadress: [14]www.jehander.com
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 5 Benämning: Skanska Asfalt och Betong AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   11.12.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 5
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Skanska Asfalt och Betong AB
   Box 7073
   SE-350 07 Växjö
   SVERIGE
   Internetadress: [15]www.skanska.se
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Information om EU-medel
   VI.2)Kompletterande information:
   Visma TendSign-annons: [16]http://www.opic.com/notice.asp?req=dizzhjls
   VI.3)Överprövningsförfaranden
   VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.3.2)Överprövning
   VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.4)Datum då meddelandet sänts:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - PL-Zabrze
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Schneeräumung
Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
Dokument Nr...: 31473-2016 (ID: 2016012909135270583)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  PL-Zabrze: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   2016/S 20/2016 31473
   Miasto Zabrze  Miejski Zarzd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
   ul. Piastowska 11, Zu Händen von: Paulina Godlewska, Zabrze 41-800,
   POLEN. Telefon: +48 322776800. Fax: +48 322776801. E-Mail:
   sekretariat@mzdii.zabrze.pl
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.1.2016, [1]2016/S
   017-025992)
   Betr.:
   CPV:77310000, 90620000, 90610000
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   Schneeräumung
   Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
   Anstatt:
   III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
   posiadania wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
   równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
   usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
   wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy
   i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2
   oraz
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
   brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych lub przekroczenie terminu
   realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie
   wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
   sposób naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
   ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
   obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
   (realizowane odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
   dostpnych Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
   tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  1 szt.
    samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  2
   szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku  1 szt.
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony  1
   szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
   kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
   zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
   informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   architektury krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
   robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
   nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
   dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
   kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
   s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
   lub te podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
   dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
   przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
   wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
   zamawiajcego warunku.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
   za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
   zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
   powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
   do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
   moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
   mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
   dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
   udziau w postpowaniu.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
   posiadania wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
   równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
   usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
   wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 20 000 m2
   oraz
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
   brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej
   oraz zimowego i letniego utrzymania chodników w okresie trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  z tego okresu w celu zweryfikowania
   rzetelnoci, kwalifikacji, efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy.
   Jeli wykonawca nie wykona lub wykona nienaleycie jedn lub wicej
   usug, gdzie przez nienaleyte wykonanie rozumie si nieosignicie
   parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytuu kar umownych lub
   przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego
   terminu zostanie wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2
   pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
   sposób naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
   ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
   obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
   (realizowane odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
   dostpnych Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
   tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  1 szt.
    samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  2
   szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony  1
   szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
   kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
   zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
   informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   architektury krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
   robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
   nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
   dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
   kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
   s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
   lub te podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
   dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
   przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
   wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
   zamawiajcego warunku.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
   za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
   zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
   powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
   do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
   moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
   mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
   dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
   udziau w postpowaniu.
   muss es heißen:
   III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
   Informacje i formalnoci konieczne
   do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   W celu wykazania speniania przez
   Wykonawc
   warunków w zakresie posiadania
   wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania
   odpowiednim
   potencjaem technicznym i osobami
   zdolnymi do
   wykonania zamówienia Wykonawca
   przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w
   przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie
   wykonywanych,
   gównych usug, w okresie ostatnich
   trzech lat
   przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli
   okres prowadzenia dziaalnoci jest
   krótszy  w tym
   okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu,
   dat wykonania i podmiotów, na rzecz
   których usugi
   zostay wykonane, wraz z
   zaczeniem dowodów, czy
   zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Na
   potwierdzenie spenienia warunku
   wiedzy
   i dowiadczenia Wykonawca jest
   zobowizany wykaza
   si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert,
   a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z
   podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
   3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
   Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
   ramach jednej lub kilku usug)
   o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
   chodników naley rozumie odnieanie
   i zamiatanie chodników.
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan,
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
   lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
   zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
   250.000,00 PLN brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
   wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
   art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi
   zostay wykonane
   lub s wykonywane w sposób
   naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w
   odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug okresowych
   lub cigych
   powiadczenie powinno by wydane
   nie wczeniej ni
   na 3 miesice przed upywem
   terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli
   z uzasadnionych
   przyczyn o obiektywnym charakterze
   wykonawca nie
   jest w stanie uzyska powiadczenia,
   o którym mowa w
   pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest
   podmiotem, na
   rzecz którego usugi wskazane w
   wykazie zostay
   wczeniej wykonane, Wykonawca
   nie ma obowizku
   przedkadania dowodów, o których
   mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej
   Zamawiajcy uzna
   nastpujce prace (realizowane
   odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
   z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i
   odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i
   pielgnacyjne drzew
   starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na
   powierzonym
   terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia
   zakadu i urzdze
   technicznych dostpnych
   Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z
   informacj o
   podstawie dysponowania tymi
   zasobami (Zacznik nr
   6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton
    1 szt.
    samochód samowyadowczy o
   dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton  2 szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku -
   1 szt.
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do
   lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania
   o masie
   cakowitej do 3,5 tony  1 szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
   bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w
   szczególnoci odpowiedzialnych za
   wiadczenie usug
   i kontrol jakoci wraz z informacjami
   na temat ich
   kwalifikacji zawodowych,
   dowiadczenia i wyksztacenia
   niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take
   zakresu wykonywanych przez nich
   czynnoci oraz
   informacja o podstawie do
   dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
   które bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday
   nastpujce kwalifikacje zawodowe,
   dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres
   wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub architektury
   krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prace
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie kierowania robotami dot.
   konserwacji terenów
   zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku ogrodniczym lub ksztatowanie
   terenów zielonych, bd
   ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew
   i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prac
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie nadzorowania nad robotami
   dot. konserwacji
   terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale
   lub kopii
   powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez
   wykonawc. W przypadku skadania
   elektronicznych
   dokumentów powinny by one
   opatrzone przez
   wykonawc bezpiecznym podpisem
   elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego
   kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie
   ubiegajcych
   si o udzielenie zamówienia oraz w
   przypadku innych
   podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust.
   2b ustawy, kopie
   dokumentów dotyczcych
   odpowiednio wykonawcy
   lub tych podmiotów s powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem odpowiednio przez
   wykonawc lub te
   podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny
   Wykonawca nie
   moe przedstawi dokumentów
   dotyczcych sytuacji
   finansowej i ekonomicznej
   wymaganych przez
   zamawiajcego, moe przedstawi
   inny dokument,
   który w wystarczajcy sposób
   potwierdza spenianie
   opisanego przez zamawiajcego
   warunku.
   Wykonawca moe polega na
   wiedzy i dowiadczeniu,
   potencjale technicznym, osobach
   zdolnych do
   wykonania zamówienia,
   zdolnociach finansowych
   lub ekonomicznych innych
   podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z
   nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji
   zobowizany jest
   udowodni zamawiajcemu, i
   bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w
   szczególnoci przedstawiajc w tym
   celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na
   potrzeby
   wykonania zamówienia. Podmiot,
   który zobowiza si
   do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych
   wyej, odpowiada solidarnie z
   wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek
   nieudostpnienia
   tych zasobów, chyba e za
   nieudostpnienie zasobów
   nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc
   spenianie warunków,
   o których mowa w art. 22 ust. 1
   ustawy, polega na
   zasobach innych podmiotów na
   zasadach okrelonych
   w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
   te bd bray
   udzia w realizacji czci
   zamówienia, zamawiajcy
   da od Wykonawcy przedstawienia
   w odniesieniu do
   tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do
   wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego
   rejestru, jeeli
   odrbne przepisy wymagaj wpisu
   do rejestru, w celu
   wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawionego nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem
   terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu
   o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w
   stosunku do osób fizycznych
   owiadczenia w zakresie
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej
   s skadane w
   oryginalne lub kopii i powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce
   wykonawcy odpowiednio potencja
   techniczny,
   osoby zdolne do wykonania
   zamówienia, wiedz i
   dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z
   zapisami paragrafu 7
   Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
   sprawie rodzajów
   dokumentów, jakich moe da
   Zamawiajcy od
   Wykonawcy oraz form w jakich te
   dokumenty mog by
   skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
   o udzielenie zamówienia musz dostarczy
   dokumenty,
   potwierdzajce, e cznie speniaj
   warunki udziau w
   postpowaniu.
   Minimalny poziom ewentualnie
   wymaganych
   standardów: (jeeli dotyczy)
   W celu wykazania speniania przez
   Wykonawc
   warunków w zakresie posiadania
   wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania
   odpowiednim
   potencjaem technicznym i osobami
   zdolnymi do
   wykonania zamówienia Wykonawca
   przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w
   przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie
   wykonywanych,
   gównych usug, w okresie ostatnich
   trzech lat
   przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli
   okres prowadzenia dziaalnoci jest
   krótszy  w tym
   okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu,
   dat wykonania i podmiotów, na rzecz
   których usugi
   zostay wykonane, wraz z
   zaczeniem dowodów,
   czy zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie.
   Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy i
   dowiadczenia Wykonawca jest
   zobowizany wykaza
   si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert,
   a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z
   podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
   3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
   Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
   ramach jednej lub kilku usug)
   o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
   chodników naley rozumie odnieanie
   i zamiatanie chodników.
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan,
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
   lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
   zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
   250.000,00 PLN brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
   wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
   art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi
   zostay wykonane
   lub s wykonywane w sposób
   naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w
   odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug okresowych
   lub cigych
   powiadczenie powinno by wydane
   nie wczeniej ni
   na 3 miesice przed upywem
   terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli
   z uzasadnionych
   przyczyn o obiektywnym charakterze
   wykonawca nie
   jest w stanie uzyska powiadczenia,
   o którym mowa w
   pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest
   podmiotem, na
   rzecz którego usugi wskazane w
   wykazie zostay
   wczeniej wykonane, Wykonawca
   nie ma obowizku
   przedkadania dowodów, o których
   mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej
   Zamawiajcy uzna
   nastpujce prace (realizowane
   odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
   z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i
   odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i
   pielgnacyjne drzew
   starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na
   powierzonym
   terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia
   zakadu i urzdze
   technicznych dostpnych
   Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z
   informacj o
   podstawie dysponowania tymi
   zasobami (Zacznik nr
   6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton
    1 szt.
    samochód samowyadowczy o
   dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton  2 szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do
   lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania
   o masie
   cakowitej do 3,5 tony  1 szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
   bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w
   szczególnoci odpowiedzialnych za
   wiadczenie usug
   i kontrol jakoci wraz z informacjami
   na temat ich
   kwalifikacji zawodowych,
   dowiadczenia i wyksztacenia
   niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take
   zakresu wykonywanych przez nich
   czynnoci oraz
   informacja o podstawie do
   dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
   które bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday
   nastpujce kwalifikacje zawodowe,
   dowiadczenie i wyksztacenie oraz zakres
   wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub architektury
   krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prace
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie kierowania robotami dot.
   konserwacji terenów
   zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub ksztatowanie
   terenów zielonych, bd
   ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew
   i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prac
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie nadzorowania nad robotami
   dot. konserwacji
   terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale
   lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez
   wykonawc. W przypadku skadania
   elektronicznych
   dokumentów powinny by one
   opatrzone przez
   wykonawc bezpiecznym podpisem
   elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego
   kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie
   ubiegajcych
   si o udzielenie zamówienia oraz w
   przypadku innych
   podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust.
   2b ustawy, kopie
   dokumentów dotyczcych
   odpowiednio wykonawcy
   lub tych podmiotów s powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem odpowiednio przez
   wykonawc lub te
   podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny
   Wykonawca nie
   moe przedstawi dokumentów
   dotyczcych sytuacji
   finansowej i ekonomicznej
   wymaganych przez
   zamawiajcego, moe przedstawi
   inny dokument,
   który w wystarczajcy sposób
   potwierdza spenianie
   opisanego przez zamawiajcego
   warunku.
   Wykonawca moe polega na
   wiedzy i dowiadczeniu,
   potencjale technicznym, osobach
   zdolnych do
   wykonania zamówienia,
   zdolnociach finansowych
   lub ekonomicznych innych
   podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z
   nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji
   zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i
   bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w
   szczególnoci przedstawiajc w tym
   celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na
   potrzeby
   wykonania zamówienia. Podmiot,
   który zobowiza si
   do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych
   wyej, odpowiada solidarnie z
   wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek
   nieudostpnienia
   tych zasobów, chyba e za
   nieudostpnienie zasobów
   nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc
   spenianie warunków,
   o których mowa w art. 22 ust. 1
   ustawy, polega na
   zasobach innych podmiotów na
   zasadach okrelonych
   w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
   te bd bray
   udzia w realizacji czci
   zamówienia, zamawiajcy
   da od Wykonawcy przedstawienia
   w odniesieniu do
   tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do
   wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego
   rejestru, jeeli
   odrbne przepisy wymagaj wpisu
   do rejestru, w celu
   wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawionego nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem
   terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu
   o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
   owiadczenia w zakresie
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej
   s skadane w
   oryginalne lub kopii i powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce
   wykonawcy odpowiednio potencja
   techniczny,
   osoby zdolne do wykonania
   zamówienia, wiedz i
   dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z
   zapisami paragrafu 7
   Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
   sprawie rodzajów
   dokumentów, jakich moe da
   Zamawiajcy od
   Wykonawcy oraz form w jakich te
   dokumenty mog by
   skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
   o udzielenie
   zamówienia musz dostarczy
   dokumenty,
   potwierdzajce, e cznie speniaj
   warunki udziau w
   postpowaniu.
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025992-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 29/01/2016    S20    - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
   otwarta
   Polska-Zabrze: Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
   2016/S 020-031473
   Miasto Zabrze  Miejski Zarzd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
   ul. Piastowska 11, Osoba do kontaktów: Paulina Godlewska, Zabrze
   41-800, POLSKA. Tel.: +48 322776800. Faks: +48 322776801. E-mail:
   sekretariat@mzdii.zabrze.pl
   (Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 26.1.2016,
   [1]2016/S 017-025992)
   Przedmiot zamówienia:
   CPV:77310000, 90620000, 90610000
   Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
   Usugi odnieania
   Usugi sprztania i zamiatania ulic
   Zamiast:
   III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
   posiadania wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
   równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
   usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
   wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy
   i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2
   oraz
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
   brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych lub przekroczenie terminu
   realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie
   wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
   sposób naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
   ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
   obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
   (realizowane odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
   dostpnych Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
   tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  1 szt.
    samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  2
   szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku  1 szt.
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony  1
   szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
   kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
   zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
   informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   architektury krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
   robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
   nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
   dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
   kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
   s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
   lub te podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
   dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
   przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
   wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
   zamawiajcego warunku.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
   za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
   zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
   powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
   do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
   moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
   mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
   dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
   udziau w postpowaniu.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
   posiadania wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
   równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
   usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
   wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 20 000 m2
   oraz
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
   pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
   brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej
   oraz zimowego i letniego utrzymania chodników w okresie trzech lat
   przed upywem terminu skadania ofert, a jeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  z tego okresu w celu zweryfikowania
   rzetelnoci, kwalifikacji, efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy.
   Jeli wykonawca nie wykona lub wykona nienaleycie jedn lub wicej
   usug, gdzie przez nienaleyte wykonanie rozumie si nieosignicie
   parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytuu kar umownych lub
   przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego
   terminu zostanie wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2
   pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
   sposób naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
   okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
   ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
   obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
   (realizowane odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
   dostpnych Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
   tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  1 szt.
    samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton  2
   szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony  1
   szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
   kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
   zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
   informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   architektury krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
   robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
   ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
   organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
   ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
   nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
   dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
   kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
   s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
   lub te podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
   dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
   przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
   wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
   zamawiajcego warunku.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
   za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
   zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
   powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
   do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
   moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
   mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
   dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
   udziau w postpowaniu.
   Powinno by:
   III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
   Informacje i formalnoci konieczne
   do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   W celu wykazania speniania przez
   Wykonawc
   warunków w zakresie posiadania
   wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania
   odpowiednim
   potencjaem technicznym i osobami
   zdolnymi do
   wykonania zamówienia Wykonawca
   przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w
   przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie
   wykonywanych,
   gównych usug, w okresie ostatnich
   trzech lat
   przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli
   okres prowadzenia dziaalnoci jest
   krótszy  w tym
   okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu,
   dat wykonania i podmiotów, na rzecz
   których usugi
   zostay wykonane, wraz z
   zaczeniem dowodów, czy
   zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Na
   potwierdzenie spenienia warunku
   wiedzy
   i dowiadczenia Wykonawca jest
   zobowizany wykaza
   si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert,
   a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z
   podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
   3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
   Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
   ramach jednej lub kilku usug)
   o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
   chodników naley rozumie odnieanie
   i zamiatanie chodników.
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan,
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
   lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
   zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
   250.000,00 PLN brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
   wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
   art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi
   zostay wykonane
   lub s wykonywane w sposób
   naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w
   odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug okresowych
   lub cigych
   powiadczenie powinno by wydane
   nie wczeniej ni
   na 3 miesice przed upywem
   terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli
   z uzasadnionych
   przyczyn o obiektywnym charakterze
   wykonawca nie
   jest w stanie uzyska powiadczenia,
   o którym mowa w
   pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest
   podmiotem, na
   rzecz którego usugi wskazane w
   wykazie zostay
   wczeniej wykonane, Wykonawca
   nie ma obowizku
   przedkadania dowodów, o których
   mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej
   Zamawiajcy uzna
   nastpujce prace (realizowane
   odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
   z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i
   odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i
   pielgnacyjne drzew
   starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na
   powierzonym
   terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia
   zakadu i urzdze
   technicznych dostpnych
   Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z
   informacj o
   podstawie dysponowania tymi
   zasobami (Zacznik nr
   6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton
    1 szt.
    samochód samowyadowczy o
   dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton  2 szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku -
   1 szt.
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do
   lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania
   o masie
   cakowitej do 3,5 tony  1 szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
   bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w
   szczególnoci odpowiedzialnych za
   wiadczenie usug
   i kontrol jakoci wraz z informacjami
   na temat ich
   kwalifikacji zawodowych,
   dowiadczenia i wyksztacenia
   niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take
   zakresu wykonywanych przez nich
   czynnoci oraz
   informacja o podstawie do
   dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
   które bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday
   nastpujce kwalifikacje zawodowe,
   dowiadczenie i
   wyksztacenie oraz zakres
   wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub architektury
   krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prace
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie kierowania robotami dot.
   konserwacji terenów
   zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku ogrodniczym lub ksztatowanie
   terenów zielonych, bd
   ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew
   i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prac
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie nadzorowania nad robotami
   dot. konserwacji
   terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale
   lub kopii
   powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez
   wykonawc. W przypadku skadania
   elektronicznych
   dokumentów powinny by one
   opatrzone przez
   wykonawc bezpiecznym podpisem
   elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego
   kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie
   ubiegajcych
   si o udzielenie zamówienia oraz w
   przypadku innych
   podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust.
   2b ustawy, kopie
   dokumentów dotyczcych
   odpowiednio wykonawcy
   lub tych podmiotów s powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem odpowiednio przez
   wykonawc lub te
   podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny
   Wykonawca nie
   moe przedstawi dokumentów
   dotyczcych sytuacji
   finansowej i ekonomicznej
   wymaganych przez
   zamawiajcego, moe przedstawi
   inny dokument,
   który w wystarczajcy sposób
   potwierdza spenianie
   opisanego przez zamawiajcego
   warunku.
   Wykonawca moe polega na
   wiedzy i dowiadczeniu,
   potencjale technicznym, osobach
   zdolnych do
   wykonania zamówienia,
   zdolnociach finansowych
   lub ekonomicznych innych
   podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z
   nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji
   zobowizany jest
   udowodni zamawiajcemu, i
   bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w
   szczególnoci przedstawiajc w tym
   celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na
   potrzeby
   wykonania zamówienia. Podmiot,
   który zobowiza si
   do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych
   wyej, odpowiada solidarnie z
   wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek
   nieudostpnienia
   tych zasobów, chyba e za
   nieudostpnienie zasobów
   nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc
   spenianie warunków,
   o których mowa w art. 22 ust. 1
   ustawy, polega na
   zasobach innych podmiotów na
   zasadach okrelonych
   w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
   te bd bray
   udzia w realizacji czci
   zamówienia, zamawiajcy
   da od Wykonawcy przedstawienia
   w odniesieniu do
   tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do
   wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego
   rejestru, jeeli
   odrbne przepisy wymagaj wpisu
   do rejestru, w celu
   wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawionego nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem
   terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu
   o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w
   stosunku do osób fizycznych
   owiadczenia w zakresie
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej
   s skadane w
   oryginalne lub kopii i powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce
   wykonawcy odpowiednio potencja
   techniczny,
   osoby zdolne do wykonania
   zamówienia, wiedz i
   dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z
   zapisami paragrafu 7
   Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
   sprawie rodzajów
   dokumentów, jakich moe da
   Zamawiajcy od
   Wykonawcy oraz form w jakich te
   dokumenty mog by
   skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
   o udzielenie zamówienia musz dostarczy
   dokumenty,
   potwierdzajce, e cznie speniaj
   warunki udziau w
   postpowaniu.
   Minimalny poziom ewentualnie
   wymaganych
   standardów: (jeeli dotyczy)
   W celu wykazania speniania przez
   Wykonawc
   warunków w zakresie posiadania
   wiedzy
   i dowiadczenia oraz dysponowania
   odpowiednim
   potencjaem technicznym i osobami
   zdolnymi do
   wykonania zamówienia Wykonawca
   przedstawi
   dokumenty:
   A) wykaz wykonanych, a w
   przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie
   wykonywanych,
   gównych usug, w okresie ostatnich
   trzech lat
   przed upywem terminu skadania
   ofert, a jeeli
   okres prowadzenia dziaalnoci jest
   krótszy  w tym
   okresie, wraz z podaniem ich
   wartoci, przedmiotu,
   dat wykonania i podmiotów, na rzecz
   których usugi
   zostay wykonane, wraz z
   zaczeniem dowodów,
   czy zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie.
   Na potwierdzenie spenienia
   warunku wiedzy i
   dowiadczenia Wykonawca jest
   zobowizany wykaza
   si:
   1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
   letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert,
   a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z
   podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
   3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
   Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
   ramach jednej lub kilku usug)
   o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
   chodników naley rozumie odnieanie
   i zamiatanie chodników.
   2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
   okresowych lub cigych równie wykonywan,
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
   lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
   dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
   zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
   250.000,00 PLN brutto.
   W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
   lub wykonanych nienaleycie
   w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
   utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
   skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy 
   z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
   efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
   wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
   wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
   poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
   wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
   art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
   Dowodami okrelajcymi czy usugi
   zostay wykonane
   lub s wykonywane w sposób
   naleyty s:
   1) powiadczenie, z tym e w
   odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug okresowych
   lub cigych
   powiadczenie powinno by wydane
   nie wczeniej ni
   na 3 miesice przed upywem
   terminu skadania ofert;
   2) owiadczenie wykonawcy  jeeli
   z uzasadnionych
   przyczyn o obiektywnym charakterze
   wykonawca nie
   jest w stanie uzyska powiadczenia,
   o którym mowa w
   pkt 1.
   W przypadku gdy Zamawiajcy jest
   podmiotem, na
   rzecz którego usugi wskazane w
   wykazie zostay
   wczeniej wykonane, Wykonawca
   nie ma obowizku
   przedkadania dowodów, o których
   mowa wyej.
   Za pielgnacj zieleni przyulicznej
   Zamawiajcy uzna
   nastpujce prace (realizowane
   odrbnie lub cznie):
   1. koszenie trawników;
   2. zakadanie trawników;
   3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
   z ich pielgnacj;
   4. cicia pielgnacyjne i
   odmadzajce krzewów;
   5. cicia przewietlajce i
   pielgnacyjne drzew
   starszych;
   6. wygrabianie i wywóz lici;
   7. biece utrzymanie czystoci na
   powierzonym
   terenie.
   B) wykaz narzdzi, wyposaenia
   zakadu i urzdze
   technicznych dostpnych
   Wykonawcy usug
   w celu realizacji zamówienia wraz z
   informacj o
   podstawie dysponowania tymi
   zasobami (Zacznik nr
   6), obejmujcy nie mniej ni:
    cignik koowy  1 szt.
    przyczepa o dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton
    1 szt.
    samochód samowyadowczy o
   dopuszczalnej masie
   cakowitej do 5 ton  2 szt.
    kosiarka doczepna  1 szt.
    kosiarka doczepna na wysigniku
    wykaszarka  5 szt.
    urzdzenie ssco zbierajce do
   lici, odpadów  1 szt.
    pilarka  1 szt.
    sprzt mechaniczny do odnieania
   o masie
   cakowitej do 3,5 tony  1 szt.
    zamiatarki chodnikowe  2 szt
   C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
   bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia, w
   szczególnoci odpowiedzialnych za
   wiadczenie usug
   i kontrol jakoci wraz z informacjami
   na temat ich
   kwalifikacji zawodowych,
   dowiadczenia i wyksztacenia
   niezbdnych do wykonania
   zamówienia, a take
   zakresu wykonywanych przez nich
   czynnoci oraz
   informacja o podstawie do
   dysponowania tymi osobami;
   Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
   które bd
   uczestniczy w wykonywaniu
   zamówienia posiaday
   nastpujce kwalifikacje zawodowe,
   dowiadczenie i wyksztacenie oraz zakres
   wykonywanych czynnoci:
   1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub architektury
   krajobrazu;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prace
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug;
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie kierowania robotami dot.
   konserwacji terenów
   zieleni miejskiej.
   2) Brygadzista: min. 1 osoba
    wyksztacenie rednie lub wysze w
   kierunku
   ogrodniczym lub ksztatowanie
   terenów zielonych, bd
   ukoczony kurs III stopnia w
   zakresie pielgnacji drzew
   i krzewów ozdobnych;
    zakres wykonywanych czynnoci:
   nadzór nad prac
   podlegego zespou, organizacja
   pracy i stay nadzór
   nad pracami wykonywanymi przez
   podwadnych,
   nadzór nad prawidowym
   wykonaniem prac zgodnie
   ze sztuk ogrodnicz, dbao o
   zapewnienie
   odpowiedniej jakoci usug
    dowiadczenie: min. 3 letnie
   dowiadczenie w
   zakresie nadzorowania nad robotami
   dot. konserwacji
   terenów zieleni miejskiej.
   Dokumenty s skadane w oryginale
   lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez
   wykonawc. W przypadku skadania
   elektronicznych
   dokumentów powinny by one
   opatrzone przez
   wykonawc bezpiecznym podpisem
   elektronicznym
   weryfikowanym za pomoc wanego
   kwalifikowanego
   certyfikatu.
   W przypadku wykonawców wspólnie
   ubiegajcych
   si o udzielenie zamówienia oraz w
   przypadku innych
   podmiotów, na zasobach których
   wykonawca polega na
   zasadach okrelonych w art. 26 ust.
   2b ustawy, kopie
   dokumentów dotyczcych
   odpowiednio wykonawcy
   lub tych podmiotów s powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem odpowiednio przez
   wykonawc lub te
   podmioty.
   Jeeli z uzasadnionej przyczyny
   Wykonawca nie
   moe przedstawi dokumentów
   dotyczcych sytuacji
   finansowej i ekonomicznej
   wymaganych przez
   zamawiajcego, moe przedstawi
   inny dokument,
   który w wystarczajcy sposób
   potwierdza spenianie
   opisanego przez zamawiajcego
   warunku.
   Wykonawca moe polega na
   wiedzy i dowiadczeniu,
   potencjale technicznym, osobach
   zdolnych do
   wykonania zamówienia,
   zdolnociach finansowych
   lub ekonomicznych innych
   podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z
   nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji
   zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i
   bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w
   szczególnoci przedstawiajc w tym
   celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na
   potrzeby
   wykonania zamówienia. Podmiot,
   który zobowiza si
   do udostpnienia zasobów na
   zasadach okrelonych
   wyej, odpowiada solidarnie z
   wykonawc za szkod
   zamawiajcego powsta wskutek
   nieudostpnienia
   tych zasobów, chyba e za
   nieudostpnienie zasobów
   nie ponosi winy.
   Jeli Wykonawca wykazujc
   spenianie warunków,
   o których mowa w art. 22 ust. 1
   ustawy, polega na
   zasobach innych podmiotów na
   zasadach okrelonych
   w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
   te bd bray
   udzia w realizacji czci
   zamówienia, zamawiajcy
   da od Wykonawcy przedstawienia
   w odniesieniu do
   tych podmiotów nastpujcych
   dokumentów:
   1) owiadczenia o braku podstaw do
   wykluczenia;
   2) aktualnego odpisu z waciwego
   rejestru, jeeli
   odrbne przepisy wymagaj wpisu
   do rejestru, w celu
   wykazania braku podstaw do
   wykluczenia w oparciu o
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawionego nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem
   terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu
   o udzielenie zamówienia albo
   skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
   owiadczenia w zakresie
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Dokumenty, o których mowa wyej
   s skadane w
   oryginalne lub kopii i powiadczane
   za zgodno
   z oryginaem przez inne podmioty
   udostpniajce
   wykonawcy odpowiednio potencja
   techniczny,
   osoby zdolne do wykonania
   zamówienia, wiedz i
   dowiadczenie oraz zdolnoci
   finansowe zgodnie z
   zapisami paragrafu 7
   Rozporzdzenia Prezesa Rady
   Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
   sprawie rodzajów
   dokumentów, jakich moe da
   Zamawiajcy od
   Wykonawcy oraz form w jakich te
   dokumenty mog by
   skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
   Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
   o udzielenie
   zamówienia musz dostarczy
   dokumenty,
   potwierdzajce, e cznie speniaj
   warunki udziau w
   postpowaniu.
   Inne dodatkowe informacje
   Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
   przetargowej.
   Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Versicherungen - SE-Haparanda
Versicherungen
Transportversicherungen
Frachtversicherungen
Schaden- oder Verlustversicherungen
Vermögensversicherungen
Dokument Nr...: 31573-2016 (ID: 2016012909150970692)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  SE-Haparanda: Versicherungen
   2016/S 20/2016 31573
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Haparanda kommun
   Torget 9
   Zu Händen von: Monica Perdahl Täikkö
   SE-953 85 Haparanda
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 92226083
   E-Mail: [4]monica.taikko@haparanda.se
   Weitere Auskünfte erteilen: Faval Försäkring i Norr AB
   Box 73
   Kontaktstelle(n): Faval Försäkring i Norr AB
   Zu Händen von: Per Ahlin
   SE-941 22 Piteå
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 703888771
   E-Mail: [5]per.ahlin@faval.nu
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Faval Försäkring i Norr AB
   Box 73
   Zu Händen von: Per Ahlin
   SE-941 22 Piteå
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 703888771
   E-Mail: [6]per.ahlin@faval.nu
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Haparanda kommun
   Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
   Kontaktstelle(n): Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
   Zu Händen von: Monica Perdahl Täikkö
   SE-953 85 Haparanda
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 92226083
   E-Mail: [7]monica.taikko@haparanda.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66510000, 66514100, 66514200, 66515000, 66515200
   Beschreibung
   Versicherungen.
   Transportversicherungen.
   Frachtversicherungen.
   Schaden- oder Verlustversicherungen.
   Vermögensversicherungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   16.3.2016 - 23:59
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:monica.taikko@haparanda.se?subject=TED
   5. mailto:per.ahlin@faval.nu?subject=TED
   6. mailto:per.ahlin@faval.nu?subject=TED
   7. mailto:monica.taikko@haparanda.se?subject=TED
OT: 29/01/2016    S20    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Haparanda: Försäkringar
   2016/S 020-031573
   Meddelande om upphandling
   Tjänster
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Haparanda kommun
   Torget 9
   Att: Monica Perdahl Täikkö
   SE-953 85 Haparanda
   SVERIGE
   Telefon: +46 92226083
   E-post: [6]monica.taikko@haparanda.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Faval Försäkring i Norr AB
   Box 73
   Kontaktpunkt(er): Faval Försäkring i Norr AB
   Att: Per Ahlin
   SE-941 22 Piteå
   SVERIGE
   Telefon: +46 703888771
   E-post: [7]per.ahlin@faval.nu
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Faval Försäkring i Norr AB
   Box 73
   Att: Per Ahlin
   SE-941 22 Piteå
   SVERIGE
   Telefon: +46 703888771
   E-post: [8]per.ahlin@faval.nu
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Haparanda kommun
   Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
   Kontaktpunkt(er): Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
   Att: Monica Perdahl Täikkö
   SE-953 85 Haparanda
   SVERIGE
   Telefon: +46 92226083
   E-post: [9]monica.taikko@haparanda.se
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: nej
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Försäkringsanbud 2016 Haparanda kommun.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 6: Finansiella tjänster a) Försäkringstjänster b)
   Bank- och investeringstjänster
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Haparanda.
   NUTS-kod SE332
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Upphandlingen avser kommunförsäkring egendom och ansvar, transport och
   utställning, skogsförsäkring, fordonsförsäkring, olycksfallsförsäkring,
   tjänstereseförsäkring, saneringsavtal mot skadedjur och insekter, samt
   egendom och ansvar med tilläggsförsäkringar för Bottenvikens
   reningsverk.
   För denna anbudsprocess använder sig inköparen av Mercell Sourcing
   Service. För att meddela ditt intresse samt att få tillgång till
   samtliga dokument, klicka på nedanstående länk eller kopiera den och
   klistra in i din webbläsare.
   [10]http://permalink.mercell.com/56182050.aspx
   Följ därefter instruktionerna på webbsidan.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   66510000, 66514100, 66514200, 66515000, 66515200
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
   Anbud får lämnas för en eller flera delar
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   Alternativa anbud accepteras: nej
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   A. Egendom och Ansvar samt till dessa kopplade tilläggsförsäkringar,
   B. Olycksfallförsäkring,
   C. Fordonsavtal,
   D. Husbocksförsäkring/Saneringsavtal,
   E. Tjänstereseförsäkring (Gemensamt med Bottenvikens Reningsverk AB),
   F. Utställnings- och transportförsäkring,
   G. Skogsförsäkring.
   II.2.2)Information om optioner
   Option: ja
   Beskriv optionen: Kontraktsperiodens längd är 1-4 år med möjlighet till
   1 års förlängning s.k. optionsår.
   II.2.3)Information om förlängning
   Detta kontrakt kan förlängas: nej
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Start 1.4.2016.
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
   personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
   kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
   eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   nej
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   16.3.2016 - 23:59
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 31.5.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Datum: 17.3.2016 - 10:00
   Plats:
   Haparanda kommunförvaltning.
   Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   Detta är en återkommande upphandling: nej
   VI.2)Information om EU-medel
   Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
   EU-medel: nej
   VI.3)Kompletterande information
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   Förvaltningsrätten i Luleå
   Box 849
   SE-971 26 Luleå
   SVERIGE
   E-post: [11]forvaltningsrattenilulea@dom.se
   Telefon: +46 920295490
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Entwicklung von kundenspezifischer Software - UK-London
Entwicklung von kundenspezifischer Software
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Entwicklung von Transaktionsverarbeitungssoftware und kundenspezifischer Software
Systemanalyse und Programmierung
Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
Dienstleistungen in Verbindung mit Software
Datendienste
Internetdienste
Datenverarbeitungsdienste
Computerunterstützung und -beratung
Computernetze
Dokument Nr...: 31673-2016 (ID: 2016012909154070782)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  UK-London: Entwicklung von kundenspezifischer Software
   2016/S 20/2016 31673
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   FSCS Limited
   10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph Street
   Kontaktstelle(n): Procurement Team
   EC3A 7QU London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   E-Mail: [4]Procurement@fscs.org.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fscs.org.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72230000, 72000000, 72232000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000,
   72400000, 72500000, 72600000, 72700000
   Beschreibung
   Entwicklung von kundenspezifischer Software.
   IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
   Entwicklung von Transaktionsverarbeitungssoftware und
   kundenspezifischer Software.
   Systemanalyse und Programmierung.
   Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste.
   Dienstleistungen in Verbindung mit Software.
   Datendienste.
   Internetdienste.
   Datenverarbeitungsdienste.
   Computerunterstützung und -beratung.
   Computernetze.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   24.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:Procurement@fscs.org.uk?subject=TED
   5. http://www.fscs.org.uk/
OT: 29/01/2016    S20    - - Services - Contract notice - Open procedure
   United Kingdom-London: Custom software development services
   2016/S 020-031673
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   FSCS Limited
   10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph Street
   Contact point(s): Procurement Team
   EC3A 7QU London
   UNITED KINGDOM
   E-mail: [6]Procurement@fscs.org.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]http://www.fscs.org.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Economic and financial affairs
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   FSCS263  Application Development and Maintenance Services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 7: Computer and related services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   UKI.
   NUTS code
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Information on framework agreement
   Framework agreement with a single operator
   Duration of the framework agreement
   Duration in months: 36
   Estimated total value of purchases for the entire duration of the
   framework agreement
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 1 and 8 000 000 GBP
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   The FSCS is seeking to establish a strategic partnership for
   Application Development and Maintenance (ADAM) services for its
   application estate. There are currently 5 core systems/technologies in
   scope for ADAM services:-
   1) Oracle Siebel Financial Services  Insurance (version Siebel 15),
   2) Oracle OBIEE 11 g,
   3) OpenText Content Server,
   4) Data Services,
   5) FSCS Web Solutions.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   72230000, 72000000, 72232000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000,
   72400000, 72500000, 72600000, 72700000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: yes
   Number of possible renewals: 1
   In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
   timeframe for subsequent contracts:
   in months: 12 (from the award of the contract)
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: Further detail contained within ITT
   documentation.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: Further detail contained within ITT
   documentation.
   Minimum level(s) of standards possibly required: Further detail
   contained within ITT documentation.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   Further detail contained within ITT documentation.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   Further detail contained within ITT documentation.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: no
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   FSCS263
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Prior information notice
   Notice number in the OJEU: [8]2015/S 246-447391 of 19.12.2015
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   24.2.2016
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - NL-Amsterdam
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 3173-2016 (ID: 2016010609115640520)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  NL-Amsterdam: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
   2016/S 3/2016 3173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gemeente Amsterdam
   34366966
   Bijlmerplein 395
   Zu Händen von: Recruiter gemeente Amsterdam
   1102 DK Amsterdam
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 202517002
   E-Mail: [4]inhuur@amsterdam.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.amsterdam.nl/inhuur
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTE
   RDAM
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72000000
   Beschreibung
   IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Niedrigstes Angebot 0 und höchstes Angebot 115 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ensah Business Services
   NL1734.11.472.B01
   Ensahlaan 5
   3723 HT Bilthoven
   NIEDERLANDE
   E-Mail: [8]eboertje@ensah.nl
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 0 und höchstes Angebot 115 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:inhuur@amsterdam.nl?subject=TED
   5. http://www.amsterdam.nl/inhuur
   6. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
   7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTERDAM
   8. mailto:eboertje@ensah.nl?subject=TED
OT: 06/01/2016    S3    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   Nederland-Amsterdam: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling,
   internet en ondersteuning
   2016/S 003-003173
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Gemeente Amsterdam
   34366966
   Bijlmerplein 395
   Ter attentie van: Recruiter gemeente Amsterdam
   1102 DK Amsterdam
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 202517002
   E-mail: [6]inhuur@amsterdam.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.amsterdam.nl/inhuur
   Adres van het kopersprofiel:
   [8]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
   Elektronische toegang tot informatie :
   [9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTE
   RDAM
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   128562  1018  Financiën  Systeemarchitect e-facturatie.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 22: Diensten voor plaatsing van personeel en
   personeelsverschaffing
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Amsterdam.
   NUTS-code NL326
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Gemeente Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van
   diverse expertise en capaciteit. Gemeente Amsterdam nodigt
   geïnteresseerde Ondernemers voor de vakgebieden uit om zich te
   registreren op het CTM platform en aan te melden voor het platform
   Externe inhuur. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor 1 of meerdere
   vakgebieden binnen. Zodra gemeente Amsterdam behoefte heeft aan externe
   inhuur, wordt de offerteaanvraag in het platform Externe inhuur
   uitgezet. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor de het platform
   Externe inhuur conform de minimaal gestelde eisen. Aan de toelating kan
   geen recht op opdrachten worden ontleend.
   Het platform Externe inhuur voor externe inhuur heeft betrekking op
   functies in de volgende vakgebieden (onder voorbehoud van
   ontwikkelingen/uitbreidingen):
    arbo,
    (bouw) technisch,
    communicatie,
    facilitair,
    financieel,
    personeel en organisatie,
    ICT,
    inkoop,
    interim management en advies,
    juridisch.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   72000000
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Laagste offerte 0 en hoogste offerte 115 EUR
   Zonder btw
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Gelet op de in het bestek, in de uitnodiging of onderhandeling
   vermelde criteria. Weging 100
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   128562 - 1018
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: Financiën  Systeemarchitect
   e-facturatie
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   4.1.2016
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Ensah Business Services
   NL1734.11.472.B01
   Ensahlaan 5
   3723 HT Bilthoven
   NEDERLAND
   E-mail: [10]eboertje@ensah.nl
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   Totale definitieve waarde van de opdracht:
   Laagste offerte 0 en hoogste offerte 115 EUR
   Zonder btw
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   Deze externe inhuur vraag betreft een digitale omgeving waarop de
   gemeente Amsterdam de inhuur van extern personeel bekend maakt en
   Ondernemers hun belangstelling hiervoor kunnen tonen. Een ondernemer
   dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het CTM platform
   via de link op [11]www.amsterdam.nl/inhuur U krijgt een e-mail zodra uw
   bedrijfsregistratie is goedgekeurd. Om tot het platform Externe inhuur
   te worden toegelaten, moeten Ondernemers zich aanmelden bij de externe
   inhuur via de link op [12]www.amsterdam.nl/inhuur Dit kan door akkoord
   te gaan met de genoemde voorwaarden. Alleen digitale Aanmeldingen,
   ingediend via het CTM platform, worden door de Opdrachtgever in
   behandeling genomen. Als u gekwalificeerd bent voor de externe inhuur
   ontvangt u hiervan een e-mailbericht. Hierna krijgt u in de toekomst
   automatisch een uitnodiging voor een offerte via e-mail. Inhoudelijke
   en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de externe
   inhuur te worden kenbaar gemaakt.
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   Rechtbank Amsterdam
   Parnassusweg 220
   1076 AV Amsterdam
   Telefoon: +31 205412111
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens - UK-Ipswich
Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
Unterstützung von Krankenhäusern
Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen
Dokument Nr...: 31773-2016 (ID: 2016012909164070892)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  UK-Ipswich: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
   2016/S 20/2016 31773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Suffolk County Council
   Russell Road
   Kontaktstelle(n): www.suffolksourcing.co.uk
   IP1 2BX Ipswich
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1473260728
   E-Mail: [4]dawn.richardson@suffolk.gov.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.suffolk.gov.uk
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   85000000, 85112000, 85300000
   Beschreibung
   Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens.
   Unterstützung von Krankenhäusern.
   Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   29.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:dawn.richardson@suffolk.gov.uk?subject=TED
   5. http://www.suffolk.gov.uk/
   6. https://www.suffolksourcing.co.uk/
   7. https://www.suffolksourcing.co.uk/
   8. https://www.suffolksourcing.co.uk/
OT: 29/01/2016    S20    - - Services - Contract notice - Open procedure
   United Kingdom-Ipswich: Health and social work services
   2016/S 020-031773
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Suffolk County Council
   Russell Road
   Contact point(s): www.suffolksourcing.co.uk
   IP1 2BX Ipswich
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1473260728
   E-mail: [6]dawn.richardson@suffolk.gov.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.suffolk.gov.uk
   Address of the buyer profile: [8]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Electronic access to information: [9]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [10]https://www.suffolksourcing.co.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Hospital Based Carer Support.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 25: Health and social services
   NUTS code UKH14
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Invitation to tender for Hospital Based Carer Support to support people
   (carers and the cared for), during admittance and throughout the
   discharge process as they leave hospital.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   85000000, 85112000, 85300000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: yes
   Tenders may be submitted for one or more lots
   II.1.9)Information about variants
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   Lot 1  West Suffolk Hospital;
   Lot 2  Ipswich Hospital;
   Lot 3  James Paget Hospital.
   Estimated value excluding VAT: 509 200 GBP
   II.2.2)Information about options
   II.2.3)Information about renewals
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Information about lots
   Lot No: 1 Lot title: Lot 1  West Suffolk Hospital
   1)Short description
   Hospital Based Carer Support based in West Suffolk Hospital.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   85000000, 85112000, 85300000
   3)Quantity or scope
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   Lot No: 2 Lot title: Lot 2  Ipswich Hospital
   1)Short description
   Hospital Based Carer Support based in Ipswich Hospital.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   85000000, 85112000, 85300000
   3)Quantity or scope
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   Lot No: 3 Lot title: Lot 3  James Paget Hospital
   1)Short description
   Hospital Based Carer Support based in James Paget Hospital.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   85000000, 85112000, 85300000
   3)Quantity or scope
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   5)Additional information about lots
   As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: no
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   CD0737-2
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   29.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 29.2.2016
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Suffolk County
   Council incorporates a minimum 10 calendar day standstill period from
   the point at which information on the award of contract is communicated
   to the tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek
   further debriefing from the contracting authority before the contract
   is entered into.
   If an appeal regarding the award of contract has not been successfully
   resolved: The Public Contracts Regulations 2015 as amended provide for
   aggrieved parties who have been harmed or at risk of harm by a breach
   of the rules, to take action in the High Court (England, Wales and
   Northern Ireland). Any such action must be brought promptly..
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Umfragen - FR-Bourg-en-Bresse
Umfragen
Dokument Nr...: 31873-2016 (ID: 2016012909172970988)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  FR-Bourg-en-Bresse: Umfragen
   2016/S 20/2016 31873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Département de l'Ain
   Direction de l'environnement, 45 avenue Alsace Lorraine, CS 10114
   Zu Händen von: M. le président
   01003 Bourg-en-Bresse Cedex
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79311000
   Beschreibung
   Umfragen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SCOP GAY Environnement
   14 boulevard Foch
   38000 Grenoble
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 110 399 EUR
   Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SARL Environnement KARST Services
   Le Morgon
   69640 Lacenas
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 41 630 EUR
References
OT: 29/01/2016    S20    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Bourg-en-Bresse: Services d'études
   2016/S 020-031873
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Département de l'Ain
   Direction de l'environnement, 45 avenue Alsace Lorraine, CS 10114
   À l'attention de: M. le président
   01003 Bourg-en-Bresse Cedex
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 10: Services d'études de marché et de sondages
   Code NUTS FR711
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Suivi départemental des eaux superficielles et souterraines  programme
   2016  2 lots.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   79311000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15A044
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 093-167368 du 15.5.2015
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Suivi départemental des eaux superficielles.
   Marché n°: F15043
   V.1)Date d'attribution du marché:
   9.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SCOP GAY Environnement
   14 boulevard Foch
   38000 Grenoble
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 110 399 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
   Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
   dêtre sous-traitée:
   Valeur hors TVA 48 554 EUR
   Lot nº: 2 - Intitulé: Suivi départemental des eaux souterraines. Marché
   n°: F15044
   V.1)Date d'attribution du marché:
   11.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   SARL Environnement KARST Services
   Le Morgon
   69640 Lacenas
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 41 630 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   La consultation du (ou des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse
   de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent
   exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
   dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
   Avis rectificatif publié au JOUE: annonce n° [7]2015/S 109-198144 du
   9.6.2015. Références de publication rectificative paru au BOAMP.
   Annonce n°: 15-84570 du 4.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE
   et au BOAMP: 4.6.2015. Avis rectificatif publié au JOUE: annonce n°:
   [8]2015/S 132-243150 du 11.7.2015. Références de publication
   rectificative paru au BOAMP. Annonce n°: 15-102186 du 8.7.2015. Date
   d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.7.2015. Lot n°: 2: sous
   traitance pour un montant de 12 074 EUR HT.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-72775, mise en ligne le 12.5.2015.
   Références de publication rectificative.
   Annonce n° 15-102186, mise en ligne le 8.7.2015.
   Références de publication rectificative.
   Annonce n° 15-84570, mise en ligne le 4.6.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Lyon
   184 rue Duguesclin  Cedex 3
   69433 Lyon
   Téléphone: +33 478141062
   Fax: +33 478141065
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Lyon
   184 rue Duguesclin  Cedex 3
   69433 Lyon
   Téléphone: +33 478141062
   Fax: +33 478141065
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Architekturentwurf - PL-Warschau
Architekturentwurf
Dokument Nr...: 31973-2016 (ID: 2016012909183571097)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  PL-Warschau: Architekturentwurf
   2016/S 20/2016 31973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
   ul. Mazowiecka 14
   Zu Händen von: Anna Goebel
   00-048 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 222449000
   E-Mail: [4]przetargi@mzdw.pl
   Fax: +48 222449013
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mzdw.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71220000
   Beschreibung
   Architekturentwurf.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 3 124 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum  Lider Konsorcjum: MP-Mosty Sp. z o.o.
   ul. Dekerta 18
   30-703 Kraków
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 275 663,54 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 124 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:przetargi@mzdw.pl?subject=TED
   5. http://www.mzdw.pl/
OT: 29/01/2016    S20    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Warszawa: Usugi projektowania architektonicznego
   2016/S 020-031973
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
   ul. Mazowiecka 14
   Osoba do kontaktów: Anna Goebel
   00-048 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 222449000
   E-mail: [6]przetargi@mzdw.pl
   Faks: +48 222449013
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mzdw.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Agencja/urzd regionalny lub lokalny
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Budownictwo i obiekty komunalne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Opracowanie dokumentacji projektowej a take uzyskanie w imieniu
   Zamawiajcego: decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu
   na realizacj inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
   747 na odcinku od skrzyowania z drog krajow nr 9 w m. Ia do
   skrzyowania z drog krajow nr 79 w m. Lipsko  nr postpowania
   128/15.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
   zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
   krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
   technicznych; usugi bada i analiz technicznych
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Województwo mazowieckie.
   Kod NUTS PL12
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Opracowanie dokumentacji projektowej a take uzyskanie w imieniu
   Zamawiajcego decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu
   na realizacj inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
   747 na odcinku od skrzyowania z drog krajow nr 9 w m. Ia do
   skrzyowania z drog krajow nr 79 w m. Lipsko.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   71220000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 3 124 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 90
   2. Okres rkojmi. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   128/15
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 191-345966 z dnia 2.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   30.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum  Lider Konsorcjum: MP-Mosty Sp. z o.o.
   ul. Dekerta 18
   30-703 Kraków
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 4 275 663,54 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 124 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
   Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
   stronom trzecim:
   Nieznana
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Urzdu Zamówie
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]uzp@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587840
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
   Zamawiajcego stanowicej
   podstaw jego wniesienia jeeli zostay przesane w sposób okrelony w
   art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni 
   jeeli zostay przesane w inny sposób.
   2. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
   postpowanie jest prowadzone
   w trybie przetargu nieograniczonego, take wobec postanowie
   Specyfikacji Istotnych
   Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji
   ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii
   Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
   Zamówienia na stronie internetowej.
   3. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w ust. 1 i 2 wnosi
   si w terminie 10 dni
   od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej starannoci
   mona byo powzi
   wiadomo o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
   4. Jeeli Zamawiajcy nie opublikowa ogoszenia o zamiarze zawarcia
   umowy lub mimo
   takiego obowizku nie przesa Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
   najkorzystniejszej, odwoanie wnosi
   si nie póniej ni:
   1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii
   Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia,
   2) 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy nie
   opublikowa w Dzienniku
   Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Departament Odwoa Urzdu Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587700
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung - DE-Eschborn
Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung
Dokument Nr...: 32073-2016 (ID: 2016012909192971194)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  DE-Eschborn: Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung
   2016/S 20/2016 32073
   Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse
   Richtlinie 2004/18/EG
   Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
   Frankfurter Straße 29-35
   Kontaktstelle(n): Ausschreibung Informationsveranstaltung 2016
   65760 Eschborn
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6196/9082670
   E-Mail: [6]awi@bafa.bund.de
   Internet-Adresse(n):
   [7]http://www.bafa.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Wirtschaft und Finanzen
   1.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber /
   anderer Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber beschafft im Auftrag
   anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den öffentlichen
   Auftraggeber / den Auftraggeber:
   Informationsveranstaltungen im Rahmen des
   BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU 2016.
   II.1.2)Kurze Beschreibung:
   In 2016 werden insgesamt 14 Informationsveranstaltungen durchgeführt.
   Einzelheiten zu den ausgeschriebenen Projekten (Zielländer,
   Themenschwerpunkte, Durchführungszeitraum etc.) sind den nachstehenden
   Losen zu entnehmen. Die zeitlichen Vorgaben für den jeweiligen
   Durchführungszeitraum berücksichtigen dabei mögliche Überschneidungen
   mit anderen geplanten Veranstaltungen bzw. deren regionale und
   technologische Ausrichtung. Um auch kleineren Unternehmen eine
   Bewerbung auf diese Ausschreibung zu ermöglichen, werden alle Projekte
   einzeln vergeben. Eine Bewerbung auf alle in der Anlage genannte
   Informationsveranstaltungen ist möglich.
   II.1.3)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   75131000
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verwaltungsangaben
   IV.1.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   414 - II. 12.1
   IV.1.2)Angaben zu früheren Bekanntmachungen
   Frühere Bekanntmachung(en) desselben Wettbewerbs: nein
   Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse
   Nr: 1
   Bezeichnung: Türkei, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 1.
   Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   2
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   Nah- und Mittelostverein e. V.
   Kronenstraße
   10117 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [8]numov@numov.de
   Telefon: +49 3020641010
   Internet-Adresse: [9]http://www.numov.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 2
   Bezeichnung: Türkei, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 2.
   Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   Spectaris e. V.
   Werdischer Markt 15
   10117 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]info@spectaris.de
   Telefon: +49 0304140210
   Internet-Adresse: [11]http://www.spectaris.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 3
   Bezeichnung: Indonesien, Gesundheitswirtschaft, 1. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   3
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   enviacon international
   Martin-Buber-Str. 24
   14163 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [12]info@enviacon.com
   Telefon: +49 03081488410
   Internet-Adresse: [13]http://www.enviacon.com
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 4
   Bezeichnung: Indonesien, Kreativwirtschaft, 1. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   3
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   foreign markets consulting
   Ritterstr. 50
   10969 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [14]mertes@foreignmarkets.de
   Telefon: +49 01732433475
   Internet-Adresse: [15]http://www.foreignmarkets.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 5
   Bezeichnung: Korea (Rep.), sonstige Konsumgüter. 1. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   1
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   SBS Systems for Business Solutions
   Via Appia Nuova 666
   00179 Roma
   ITALIEN
   E-Mail: [16]info@sbs-business.com
   Internet-Adresse: [17]http://www.sbs-business.com
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 6
   Bezeichnung: Philippinen, zivile Sicherheitstechnologie, 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   foreign markets consulting
   Ritterstr. 50
   10969 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [18]mertes@foreignmarkets.de
   Telefon: +49 1732433475
   Internet-Adresse: [19]http://www.foreignmarkets.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 7
   Bezeichnung: Taiwan, Kreativwirtschaft, 1. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   1
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   DEInternational Limited
   Keeling Road Sec1, N.333, 19F-9
   11012 Taipei
   TAIWAN
   E-Mail: [20]jan.jovy@deinternational.com.tw
   Internet-Adresse: [21]http://www.taiwan.ahk.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 8
   Bezeichnung: Vietnam, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 2.
   Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   1
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   DIHK International Service Company limited (AHK Vietnam)
   5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1
   Ho Chi Minh City
   VIETNAM
   E-Mail: [22]info@vietnam.ahk.de
   Internet-Adresse: [23]http://www.vietnam.ahk.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 9
   Bezeichnung: VR China, Chemische Industrie, 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   1
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   German Industry an Commerce Greater China GmbH
   Bismarckstr. 45
   76133 Karlsruhe
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [24]dietlmeier.sabine@gic-deutschland.com
   Internet-Adresse: [25]http://www.china.ahk.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 10
   Bezeichnung: Kolumbien, Textilien / Bekleidungen, 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   4
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   1
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   enviacon international
   Martin-Buber-Str. 24
   14163 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [26]info@enviacon.com
   Internet-Adresse: [27]http://www.enviacon.com
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 11
   Bezeichnung: Ägypten, Maschinen- und Anlagenbau, 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   3
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   MENA-Projektpartner e. V.
   Charlottenstr. 16
   10117 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [28]mziebell@mena-projektpartner.de
   Internet-Adresse: [29]http://www.mena-projektpartner.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 12
   Bezeichnung: Kenia, Umweltschutz, Entsorgung, Klimaschutz und Energie,
   2. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   4
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   2
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   SBS Systems for Business Solutions
   Via Appia Nuova 666
   00179 Rom
   ITALIEN
   E-Mail: [30]info@sbs-business.com
   Internet-Adresse: [31]http://www.sbs-business.com
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 13
   Bezeichnung: Jordanien, Chemische Industrie, 2. Halbjahr 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   3
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   MENA-Projektpartner e. V.
   Charlottenstr. 16
   10117 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [32]mziebell@mena-projektpartner.de
   Internet-Adresse: [33]http://www.mena-projektpartner.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Nr: 14
   Bezeichnung: VAE, zivile Sicherheitstechnologie, 2016
   V.1)Zuschlag und Preise
   V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
   2
   V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
   V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
   MENA-Projektpartner e. V.
   Charlottenstr. 16
   10117 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [34]mziebell@mena-projektpartner.de
   Internet-Adresse: [35]http://www.mena-projektpartner.de
   V.1.4)Höhe der Preise
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Wettbewerb steht in Verbindung mit einem Vorhaben oder Programm,
   das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes
   Villemombler Str. 76
   53123 Bonn
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [36]vk@bundeskartellamt.de
   Telefon: +49 022894990
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   26.1.2016
References
   6. mailto:awi@bafa.bund.de?subject=TED
   7. http://www.bafa.de/
   8. mailto:numov@numov.de?subject=TED
   9. http://www.numov.de/
  10. mailto:info@spectaris.de?subject=TED
  11. http://www.spectaris.de/
  12. mailto:info@enviacon.com?subject=TED
  13. http://www.enviacon.com/
  14. mailto:mertes@foreignmarkets.de?subject=TED
  15. http://www.foreignmarkets.de/
  16. mailto:info@sbs-business.com?subject=TED
  17. http://www.sbs-business.com/
  18. mailto:mertes@foreignmarkets.de?subject=TED
  19. http://www.foreignmarkets.de/
  20. mailto:jan.jovy@deinternational.com.tw?subject=TED
  21. http://www.taiwan.ahk.de/
  22. mailto:info@vietnam.ahk.de?subject=TED
  23. http://www.vietnam.ahk.de/
  24. mailto:dietlmeier.sabine@gic-deutschland.com?subject=TED
  25. http://www.china.ahk.de/
  26. mailto:info@enviacon.com?subject=TED
  27. http://www.enviacon.com/
  28. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
  29. http://www.mena-projektpartner.de/
  30. mailto:info@sbs-business.com?subject=TED
  31. http://www.sbs-business.com/
  32. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
  33. http://www.mena-projektpartner.de/
  34. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
  35. http://www.mena-projektpartner.de/
  36. mailto:vk@bundeskartellamt.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Eisenbahnmaterial - IT-Rom
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 32173-2016 (ID: 2016012909202271279)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  IT-Rom: Eisenbahnmaterial
   2016/S 20/2016 32173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Rete Ferroviaria Italiana SpA  in sigla «RFI SpA»
   Via dello Scalo Prenestino 25
   Zu Händen von: Ronga Maria Luisa
   00159 Roma
   ITALIEN
   Telefon: +39 0647308869
   E-Mail: [4]m.ronga@rfi.it
   Fax: +39 0647308843
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.gare.rfi.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34940000
   Beschreibung
   Eisenbahnmaterial.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 3 567 150 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 1
   Los-Nr: 1
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stamperia Carcano Giuseppe SpA
   Via per Alzate 31
   22032 Albese con Cassano
   ITALIEN
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 500 000 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 567 150 EUR
   ohne MwSt
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:m.ronga@rfi.it?subject=TED
   5. http://www.gare.rfi.it/
OT: 29/01/2016    S20    - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
   Procedura negoziata
   Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie
   2016/S 020-032173
   Avviso di aggiudicazione di appalti  Settori speciali
   Direttiva 2004/17/CE
   Sezione I: Ente aggiudicatore
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Rete Ferroviaria Italiana SpA  in sigla «RFI SpA»
   Via dello Scalo Prenestino 25
   All'attenzione di: Ronga Maria Luisa
   00159 Roma
   ITALIA
   Telefono: +39 0647308869
   Posta elettronica: [6]m.ronga@rfi.it
   Fax: +39 0647308843
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: [7]www.gare.rfi.it
   I.2)Principali settori di attività
   Servizi ferroviari
   I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
   L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   GPN DGQ1 7393  Dispositivi di tensionatura a 4 e 5 pulegge.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Forniture
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Franco stabilimento del fornitore.
   Codice NUTS IT
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
   Dispositivi di tensionatura a 4 e 5 pulegge.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   34940000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 3 567 150 EUR
   IVA esclusa
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Negoziata con indizione di gara
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
   aggiudicatore:
   GPN DGQ1 7393
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2014/S 015-023469 del 22.1.2014
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   V.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto
   Appalto n.: 1
   Lotto n.: 1 - Denominazione: Dispositivi di tensionatura a 4 e 5
   pulegge  CIG: 5510461046
   V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   4.5.2015
   V.1.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 1
   V.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Stamperia Carcano Giuseppe SpA
   Via per Alzate 31
   22032 Albese con Cassano
   ITALIA
   V.1.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
   Valore: 1 500 000 EUR
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 3 567 150 EUR
   IVA esclusa
   V.1.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR del Lazio
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - FR-Paris
Versicherungen
Kraftfahrzeugversicherungen
Schaden- oder Verlustversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Dokument Nr...: 32273-2016 (ID: 2016012909215471374)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
  FR-Paris: Versicherungen
   2016/S 20/2016 32273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Centrale d'achat du transport public
   8 villa de Lourcine
   Zu Händen von: Morgane Delaquaize
   75014 Paris
   FRANKREICH
   Telefon: +33 184830473
   E-Mail: [4]morgane.delaquaize@catp.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://catp.e-marchespublics.com
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://catp.e-marchespublics.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66510000, 66514110, 66515000, 66516000, 66513100
   Beschreibung
   Versicherungen.
   Kraftfahrzeugversicherungen.
   Schaden- oder Verlustversicherungen.
   Haftpflichtversicherungen.
   Rechtsschutzversicherungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 1
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 10
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Diot Méditerranée avec la compagnie Axa
   141 avenue du Prado, bâtiment A
   13008 Marseille
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 11
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Groupe Satec avec la compagnie Axa
   24 rue Cambacérès
   75008 Paris
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 12
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 13
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 14
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Jean Mennetrier agent général avec la compagnie Axa
   33 boulevard d'Alsace, BP 1114
   26011 Valence Cedex
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 15
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 16
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 3
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 4
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 5
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Groupe Satec avec la compagnie Axa
   24 rue Cambacérès
   75008 Paris
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 6
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Gras Savoye avec la compagnie Albingia
   Ets de Marseille, 480 avenue du Prado
   13295 Marseille Cedex 08
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 7
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 8
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 9
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:morgane.delaquaize@catp.fr?subject=TED
   5. http://catp.e-marchespublics.com/
   6. http://catp.e-marchespublics.com/
OT: 29/01/2016    S20    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure négociée
   France-Paris: Services d'assurance
   2016/S 020-032273
   Avis d'attribution de marché  secteurs spéciaux
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Centrale d'achat du transport public
   8 villa de Lourcine
   À l'attention de: Morgane Delaquaize
   75014 Paris
   FRANCE
   Téléphone: +33 184830473
   E-mail: [6]morgane.delaquaize@catp.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale de lentité adjudicatrice:
   [7]http://catp.e-marchespublics.com
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://catp.e-marchespublics.com
   I.2)Activité principale
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Marché de prestations de services d'assurances.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6a:
   Code NUTS FR
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Prestation de services d'assurances.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66510000, 66514110, 66515000, 66516000, 66513100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   2015-23
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 118-216068 du 20.6.2015
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 1: assurance flotte automobile et risques
   annexes pour Illevia
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 10 - Intitulé: Lot 10: assurance flotte automobile et risques
   annexes pour la régie Palmbus de la Communauté d'agglomération des pays
   de Lérins
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Diot Méditerranée avec la compagnie Axa
   141 avenue du Prado, bâtiment A
   13008 Marseille
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 11 - Intitulé: Lot 11: assurance flotte automobile et risques
   annexes pour Libellus / réseau de la communauté d'agglomération de
   Castres-Mazamet
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Groupe Satec avec la compagnie Axa
   24 rue Cambacérès
   75008 Paris
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 12 - Intitulé: Lot 12: assurance flotte automobile et risques
   annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 13 - Intitulé: Lot 13: assurance dommages aux biens et risques
   annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 14 - Intitulé: Lot 14: assurance responsabilité civile et
   risques annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Jean Mennetrier agent général avec la compagnie Axa
   33 boulevard d'Alsace, BP 1114
   26011 Valence Cedex
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 15 - Intitulé: Lot 15: assurance responsabilité des mandataires
   sociaux pour la régie départementale des autobus de la Drôme
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 16 - Intitulé: Lot 16: assurance protection juridique pour la
   régie départementale des autobus de la Drôme
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 2 - Intitulé: Lot 2: assurance responsabilité civile et risques
   annexes pour Illevia
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 3 - Intitulé: Lot 3: assurance responsabilité des mandataires
   sociaux pour Illevia
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: assurance protection juridique pour
   Illevia
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 5 - Intitulé: Lot 5: assurance flotte automobile et risques
   annexes pour la rdt 66
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Groupe Satec avec la compagnie Axa
   24 rue Cambacérès
   75008 Paris
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 6 - Intitulé: Lot 6: assurance dommages aux biens et risques
   annexes pour la rdt 66
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Gras Savoye avec la compagnie Albingia
   Ets de Marseille, 480 avenue du Prado
   13295 Marseille Cedex 08
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 7 - Intitulé: Lot 7: assurance responsabilité civile et risques
   annexes pour la rdt 66
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Smacl Assurances
   141 avenue Salvador Allende
   79031 Niort
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 8 - Intitulé: Lot 8: assurance responsabilité des mandataires
   sociaux pour la rdt 66
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 9 - Intitulé: Lot 9: assurance protection juridique pour la rdt
   66
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Déclaré sans suite
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n°
   15-93450, mise en ligne le 18.6.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [10]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Paris
   7 rue de Jouy
   75181 Paris Cedex 04
   E-mail: [11]greffe.ta-paris@juradm.fr
   Téléphone: +33 144594400
   Fax: +33 144594646
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
EIB - Bau des 20-MW-Wasserkraftwerks Vranduk - BA-Sarajewo
Bauarbeiten für Dämme und ähnliche feste Konstruktionen
Bauarbeiten für Kraftwerke
Straßenbauarbeiten
Bauleistungen im Hochbau
Dokument Nr...: 32373-2016 (ID: 2016013009005971520)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  BA-Sarajewo: EIB - Bau des 20-MW-Wasserkraftwerks Vranduk
   2016/S 21/2016 32373
   Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of HPP Vranduk 20
   MW- Contract award - Open procedure with prequalification
   Contract award notice
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s):
   Javno preduzee Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
   Vilsonovo etalite 15, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
   Contact: Mr. Edib Bai, Project Implementation Unit, Tel. +387 33 751
   030, Fax +387 33 751 033, e-mail: e.basic@elektroprivreda.ba
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [1]http://www.elektroprivreda.ba
   I.2)Type of the contracting authority and main activity or activities:
   Public utility company for generation, distribution and supply of
   electricity.
   I.3)The contracting authority is purchasing on behalf of other
   contracting authorities:
   No
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
   S&I/1-3/14-EBRD
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance:
   Plant and Design-Build Yellow FIDIC
   Service category:
   Main place of performance: Bosnia and Herzegovina
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
   Subject of the Procurement is construction of HPP Vranduk on river
   Bosna and it includes the design, manufacturing, supply and
   installation of equipment, testing and commissioning. It has been
   designed with an operating capacity of about 20 MW of installed power,
   produced by three Kaplan turbine generator units. HPP Vranduk consists
   of the following main components:
   - A new dam with a small generating unit, a fish ladder and a gate
   storage chamber;
   - An intake structure upstream on the left river bank;
   - A power tunnel on the left side of the river upstream from the dam
   site between the intake structure and the powerhouse;
   - A surge shaft;
   - A powerhouse, control building, assembly plateau and switchgear
   building downstream at the end of the power tunnel;
   - Water storage reservoir, 6 km long;
   - New access roads and reconstructed existing roads
   - A tailrace between the powerhouse and the downstream riverbed;
   - Deepening of the downstream riverbed between the Bosna IV bridge and
   the village of Nemila (approximately 2.5 km);
   - Temporary cofferdams for the construction of the dam (in two phases)
   and of the powerhouse, as well as for allowing the connection of the
   intake structure to the power tunnel.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV):
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure:
   Open  International Competitive Bidding (ICB) with prequalification
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria:
   The most economically advantageous tender in terms of:
   Performance and productivity of the equipment offered ussing following
   formulas:
   1) WTE = The Weighted Efficiency of the hydraulic Turbine, [%]
   2) WGE = The Weighted Efficiency of the Generator, [%]
   3) RTE = The Transformer Efficiency at rated load, [%].
   The reference value for efficiencies comparison is the arithmetic
   average of the values given in all tenders (WTEAVE WGEAVE, RTEAVE ).
   For instance, if the tenders number is n:
   WTEAVE = (WTE1 + WTE2 +  + WTEn ) / n [%]
   WGEAVE = (WGE1 + WGE2 +  + WGEn ) / n [%]
   RTEAVE = (RTE1 + RTE2 +  + RTEn ) / n [%]
   The adjustment cost (AC ) for the increase (decrease) of the tender
   Price is calculated as follows:
   AC = TU + GEN + TRA
   The total Evaluated Tender Price shall include the following items:
    TU = (WTEAVE - WTE) [%] * 5/1.5 * TTP [M Euro], where TTP = Total
   Price of Turbine, Inlet Valve and Governors supply, in M Euro
    GEN = (WGEAVE - WGE) [%] * 5 * TGP [M Euro], where TGP = Total Price
   of Generator Supply, in M Euro
    TRA = (RPT [kVA] * (RTEAVG - RTE) [%] * 5000 [Euro/kVA]) / 106 =
   (RTEAVG - RTE) [%] * 62.5 [M Euro], where RPT = Rated Power Transformer
   in kVA = 12500 kVA
   IV.2.2)Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used: No
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract:
   Yes.
   Invitation for prequalification: [2]2014/S 060-100195
   ([3]http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195- 2014:TEXT:EN:HTML )
   of 26/03/2014
   Section V: Award of contract
   V.1)Award and contract value:
   Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
   S&I/1-3/14-EBRD
   V.1.1)Date of contract award decision:
   24.11.2015.
   V.1.2)Number of offers received:
   5
   V.1.3)Contractor:
   JV STRABAG AG, Austria / Konar inenjering za energetiku i transport,
   Croatia; Lead Partner Strabag AG, Austria
   V.1.4)Value of the contract:
   57.402.785,77 (Excluding VAT)
   Currency: EUR
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Contract related to a project and/or programme financed by EU
   funds:
   No
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   25.01.2016.
References
   1. http://www.elektroprivreda.ba/
   2. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195-2014:TEXT:DE:HTML
   3. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195
OT: 30/01/2016    S21    European Investment Bank - Works - Contract award
   notice - Open procedure
   Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of Vranduk
   hydropower plant 20 MW
   2016/S 021-032373
   Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of HPP Vranduk 20
   MW- Contract award - Open procedure with prequalification
   Contract award notice
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s):
   Javno preduzee Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
   Vilsonovo etalite 15, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
   Contact: Mr. Edib Bai, Project Implementation Unit, Tel. +387 33 751
   030, Fax +387 33 751 033, e-mail: e.basic@elektroprivreda.ba
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [1]http://www.elektroprivreda.ba
   I.2)Type of the contracting authority and main activity or activities:
   Public utility company for generation, distribution and supply of
   electricity.
   I.3)The contracting authority is purchasing on behalf of other
   contracting authorities:
   No
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
   S&I/1-3/14-EBRD
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance:
   Plant and Design-Build Yellow FIDIC
   Service category:
   Main place of performance: Bosnia and Herzegovina
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
   Subject of the Procurement is construction of HPP Vranduk on river
   Bosna and it includes the design, manufacturing, supply and
   installation of equipment, testing and commissioning. It has been
   designed with an operating capacity of about 20 MW of installed power,
   produced by three Kaplan turbine generator units. HPP Vranduk consists
   of the following main components:
   - A new dam with a small generating unit, a fish ladder and a gate
   storage chamber;
   - An intake structure upstream on the left river bank;
   - A power tunnel on the left side of the river upstream from the dam
   site between the intake structure and the powerhouse;
   - A surge shaft;
   - A powerhouse, control building, assembly plateau and switchgear
   building downstream at the end of the power tunnel;
   - Water storage reservoir, 6 km long;
   - New access roads and reconstructed existing roads
   - A tailrace between the powerhouse and the downstream riverbed;
   - Deepening of the downstream riverbed between the Bosna IV bridge and
   the village of Nemila (approximately 2.5 km);
   - Temporary cofferdams for the construction of the dam (in two phases)
   and of the powerhouse, as well as for allowing the connection of the
   intake structure to the power tunnel.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV):
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure:
   Open  International Competitive Bidding (ICB) with prequalification
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria:
   The most economically advantageous tender in terms of:
   Performance and productivity of the equipment offered ussing following
   formulas:
   1) WTE = The Weighted Efficiency of the hydraulic Turbine, [%]
   2) WGE = The Weighted Efficiency of the Generator, [%]
   3) RTE = The Transformer Efficiency at rated load, [%].
   The reference value for efficiencies comparison is the arithmetic
   average of the values given in all tenders (WTEAVE WGEAVE, RTEAVE ).
   For instance, if the tenders number is n:
   WTEAVE = (WTE1 + WTE2 +  + WTEn ) / n [%]
   WGEAVE = (WGE1 + WGE2 +  + WGEn ) / n [%]
   RTEAVE = (RTE1 + RTE2 +  + RTEn ) / n [%]
   The adjustment cost (AC ) for the increase (decrease) of the tender
   Price is calculated as follows:
   AC = TU + GEN + TRA
   The total Evaluated Tender Price shall include the following items:
    TU = (WTEAVE - WTE) [%] * 5/1.5 * TTP [M Euro], where TTP = Total
   Price of Turbine, Inlet Valve and Governors supply, in M Euro
    GEN = (WGEAVE - WGE) [%] * 5 * TGP [M Euro], where TGP = Total Price
   of Generator Supply, in M Euro
    TRA = (RPT [kVA] * (RTEAVG - RTE) [%] * 5000 [Euro/kVA]) / 106 =
   (RTEAVG - RTE) [%] * 62.5 [M Euro], where RPT = Rated Power Transformer
   in kVA = 12500 kVA
   IV.2.2)Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used: No
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract:
   Yes.
   Invitation for prequalification: [2]2014/S 060-100195
   ([3]http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195- 2014:TEXT:EN:HTML )
   of 26/03/2014
   Section V: Award of contract
   V.1)Award and contract value:
   Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
   S&I/1-3/14-EBRD
   V.1.1)Date of contract award decision:
   24.11.2015.
   V.1.2)Number of offers received:
   5
   V.1.3)Contractor:
   JV STRABAG AG, Austria / Konar inenjering za energetiku i transport,
   Croatia; Lead Partner Strabag AG, Austria
   V.1.4)Value of the contract:
   57.402.785,77 (Excluding VAT)
   Currency: EUR
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Contract related to a project and/or programme financed by EU
   funds:
   No
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   25.01.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gerüste - AT-St. Pölten
Gerüste
Gerüstarbeiten
Abbau von Gerüsten
Gerüstkonstruktionen
Errichtung von Gerüsten
Dokument Nr...: 32473-2016 (ID: 2016013009015671624)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  AT-St. Pölten: Gerüste
   2016/S 21/2016 32473
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Amt der NÖ Landesregierung / Abt. Gebäudeverwaltung (LAD3)
   Landhausplatz 1
   Kontaktstelle(n): HYPO NOE Real Consult GmbH
   Zu Händen von: Frau Ulrike Kern
   3109 St. Pölten
   ÖSTERREICH
   Telefon: +43 590910-3336
   E-Mail: [5]galerienoe@hyponoe.at
   Fax: +43 590910-3117
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Galerie NÖ_Gerüstbau (Fassadengerüst)_Vorinformation.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz.
   AT124
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Fassadengerüste.
   Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44212310, 45262100, 45262110, 44212317, 45262120
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.4.2016
   Laufzeit in Monaten: 3 (ab Auftragsvergabe)
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Nationale Erkennungsnummer: [L-587993-6128].
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Lt. Ausschreibungsunterlagen.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   28.1.2016
References
   5. mailto:galerienoe@hyponoe.at?subject=TED
OT: 30/01/2016    S21    - - Bauleistung - Vorabinformation ohne Aufruf zum
   Wettbewerb - Entfällt
   Österreich-St. Pölten: Gerüste
   2016/S 021-032473
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Amt der NÖ Landesregierung / Abt. Gebäudeverwaltung (LAD3)
   Landhausplatz 1
   Kontaktstelle(n): HYPO NOE Real Consult GmbH
   Zu Händen von: Frau Ulrike Kern
   3109 St. Pölten
   ÖSTERREICH
   Telefon: +43 590910-3336
   E-Mail: [5]galerienoe@hyponoe.at
   Fax: +43 590910-3117
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Galerie NÖ_Gerüstbau (Fassadengerüst)_Vorinformation.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz.
   AT124
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Fassadengerüste.
   Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44212310, 45262100, 45262110, 44212317, 45262120
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.4.2016
   Laufzeit in Monaten: 3 (ab Auftragsvergabe)
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Nationale Erkennungsnummer: [L-587993-6128].
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Lt. Ausschreibungsunterlagen.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßenausbesserungsarbeiten - NL-Hoorn
Straßenausbesserungsarbeiten
Dokument Nr...: 32573-2016 (ID: 2016013009030171735)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  NL-Hoorn: Straßenausbesserungsarbeiten
   2016/S 21/2016 32573
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gemeente Hoorn
   341772977
   Nieuwe Steen 1
   Zu Händen von: K. van Leenen
   1625 HV Hoorn
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 229252200
   E-Mail: [4]gemeente@hoorn.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.hoorn.nl
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73704
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73704
   Weitere Auskünfte erteilen: Via TenderNed
   NIEDERLANDE
   Internet-Adresse: [8]http://www.tenderned.nl
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Verkrijgbaar via TenderNed
   NIEDERLANDE
   Internet-Adresse: [9]http://www.tenderned.nl
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Via TenderNed
   NIEDERLANDE
   Internet-Adresse: [10]http://www.tenderned.nl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45233142
   Beschreibung
   Straßenausbesserungsarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 21.3.2016 - 13:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   21.3.2016 - 13:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Niederländisch.
References
   4. mailto:gemeente@hoorn.nl?subject=TED
   5. http://www.hoorn.nl/
   6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73704
   7. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73704
   8. http://www.tenderned.nl/
   9. http://www.tenderned.nl/
  10. http://www.tenderned.nl/
OT: 30/01/2016    S21    - - Werken - Aankondiging van een opdracht -
   Openbare procedure
   Nederland-Hoorn: Herstellen van wegen
   2016/S 021-032573
   Aankondiging van een opdracht
   Werken
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Gemeente Hoorn
   341772977
   Nieuwe Steen 1
   Ter attentie van: K. van Leenen
   1625 HV Hoorn
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 229252200
   E-mail: [6]gemeente@hoorn.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.hoorn.nl
   Elektronische toegang tot informatie :
   [8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73704
   Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
   [9]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
   vatting.xhtml?aankondigingId=73704
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Via
   TenderNed
   NEDERLAND
   Internetadres: [10]http://www.tenderned.nl
   Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
   concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
   verkrijgbaar op: Verkrijgbaar via TenderNed
   NEDERLAND
   Internetadres: [11]http://www.tenderned.nl
   Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
   Via TenderNed
   NEDERLAND
   Internetadres: [12]http://www.tenderned.nl
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   Wegonderhoud en reconstructies 2016-2020 (RAW-raamovereenkomst).
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Werken
   Uitvoering
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Gemeente Hoorn.
   NUTS-code NL,NL321
   II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
   het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft een overheidsopdracht
   II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
   II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   De werkzaamheden betreffen het onderhoud van de asfalt- en
   betonverharding en reconstructies in de gemeente Hoorn vanaf juni 2016
   tot mei 2020.
   II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   45233142
   II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.1.8)Percelen
   Verdeling in percelen: neen
   II.1.9)Inlichtingen over varianten
   Varianten worden geaccepteerd: neen
   II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
   II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
   Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
    frezen en opbreken asfalt;
    frezen en opbreken fundering;
    vullen van asfalt scheuren;
    opbreken elementenverhardingen;
    ontgraven grond en zand;
    verwerken grond en zand;
    grond en zand vervoeren;
    asfalt aanbrengen;
    aanbrengen menggranulaat;
    aanbrengen zand;
    aanbrengen elementenverhardingen;
    herstraten elementenverharding;
    kolken opbreken;
    kolken aanbrengen;
    kolken herstellen
    kolkleidingen verwijderen en aanbrengen;
    lichtmasten verwijderen;
    lichtmasten aanbrengen;
    detectielussen aanbrengen;
    aanbrengen belijning;
    aanbrengen markering;
    aanbrengen slijtlagen;
    aanbrengen betonnen fietspaden;
    uitvoeren milieuhygiënische onderzoeken;
    uitvoering bijkomende werkzaamheden.
   De te verwachte jaarlijkse som van de deelopdrachten is ca. 2 500 000-3
   000 000 EUR.
   II.2.2)Inlichtingen over opties
   Opties: neen
   II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
   Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
   Aanvang 1.6.2016. Voltooiing 31.5.2020
   Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
   inlichtingen
   III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
   III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
   III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
   verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
   III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
   waaraan de opdracht wordt gegund:
   III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
   De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
   ja
   Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Eis: Social return.
   Beschrijving: De inschrijver besteedt 5 % van de aanneemsom aan 1 van
   de soorten uitkeringsgerechtigden.
   Toelichting op bewijsstuk: Gebruik voor het opgeven van de Social
   return waardebepaling het social return formulier. Het gaat dan
   specifiek om de nieuwe invulling van de te gunnen opdracht. Het is niet
   toegestaan wijzigingen aan te brengen in het formulier.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eis: Uniforme eigen verklaring.
   Beschrijving: U bent verplicht de eigen verklaring in te vullen.
   Toelichting op bewijsstuk: In de eigen verklaring vult u de algemene
   gegevens in en conformeert u zich aan: de verplichte
   uitsluitingsgronden, de facultatieve uitsluitingsgronden, de
   geschiktheidseisen en de ondertekening.
   Eis: Beperking korting in inschrijvingsstaat.
   Beschrijving: In de staartposten mogen geen negatieve bedragen
   voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 918870 'Korting',
   waarbij het negatieve bedrag maximaal 1 000 EUR mag zijn. Is hieraan
   niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig.
   Toelichting op bewijsstuk: Verwezen wordt naar artikelen 01.01.03,
   01.01.04, 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard 2015. De
   inschrijvingsstaat digitaal aanleveren via TenderNed.
   III.2)Voorwaarden voor deelneming
   III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
   in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: Eis: Uitsluitingsgronden (genoemd in de eigen verklaring).
   Beschrijving: U verklaart door het invullen en ondertekenen van de
   eigen verklaring dat de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing
   zijn.
   Toelichting op bewijsstuk: Ingevulde en ondertekende eigen verklaring
   (bijgevoegd als bijlage bij deze aanbesteding).
   Onderstaande bewijsstukken indienen via TenderNed en alleen nadat de
   gemeente hierom vraagt (binnen 7 dagen na ons verzoek).
    Uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.
    Verklaring Belastingdienst niet ouder dan 6 maanden.
    Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder dan 2 jaar. Voor meer
   informatie over de gedragsverklaring aanbesteden (GVA), zie de website
   van de dienst Justis, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:
   [13]http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaringaanbesteden
   III.2.2)Economische en financiële draagkracht
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: Eis: Minimale jaaromzet.
   Wetsverwijzing: Verklaring betreffende omzet.
   Bewijsstuk: Verklaring omzet.
   Toelichting op bewijsstuk: Een verklaring betreffende de totale omzet
   over ten hoogste de laatste 3 boekjaren. Dit afhankelijk van de
   oprichtingsdatum of de datum waarop u met uw bedrijf bedrijvigheid bent
   begonnen. En voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
   Eventuele minimumeisen: Beschrijving: U verklaart door het invullen en
   ondertekenen van de eigen verklaring dat u over de afgelopen 3
   boekjaren een gemiddelde jaaromzet heeft gehad van tenminste 5 000 000
   EUR. Dit afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum waarop u met
   uw bedrijf bedrijvigheid bent begonnen. En voor zover de betrokken
   omzetcijfers beschikbaar zijn. Motivatie voor het opvragen van
   omzetcijfers is, dat de inschrijver zijn bedrijfsvoering voldoende
   heeft ingericht om de verschillende deelopdrachten (kleine en grotere
   projecten) gelijktijdig uit te kunnen voeren.
   Wetsverwijzing: Verklaring betreffende omzet.
   Bewijsstuk: Verklaring omzet.
   III.2.3)Vakbekwaamheid
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan:
   Eis: VGM-beheerssysteemcertificaat VCA*.
   Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
   kwaliteitscontrole.
   Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
   Toelichting op bewijsstuk: Een VCA*-certificaat van de inschrijver of
   een daarmee gelijk te stellen certificaat op het gebied van
   veiligheidsmanagement voor aannemers.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eis: Ervaringseis asfaltwerk.
   Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar.
   Bewijsstuk: Referenties.
   Toelichting op bewijsstuk: De aannemer dient dit aan te tonen middels
   een tevredenheidsverklaring ondertekend door de opdrachtgever, waarbij
   is vermeld dat het werk naar behoren is uitgevoerd en waarin het bedrag
   van de opdracht, de plaats en het tijdstip waarop het is uitgevoerd
   vermeld wordt, en waarin is aangegeven of de opdracht volgens de regels
   der kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde is gebracht en die in
   voorkomend geval door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de
   aanbesteder wordt toegezonden.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 5 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eis: ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat.
   Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
   kwaliteitscontrole.
   Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
   Toelichting op bewijsstuk: Dit certificaat moet zijn afgegeven door een
   certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een
   nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
   Accreditatie).
   Ingeval van een combinatie van gegadigden de combinatie respectievelijk
   dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
   kwaliteitssysteemcertificaat. Indien afzonderlijke certificaten van de
   deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten
   gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eis: Milieu ISO 14001 kwaliteitsmanagementcertificaat.
   Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
   Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
   Toelichting op bewijsstuk: Een kopie van het ISO 14001
   kwaliteitssysteemcertificaat.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eis: BRL 7001 uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele
   methoden.
   Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
   Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
   Toelichting op bewijsstuk: Een kopie van het BRL 7001 certificaat op
   het gebied van saneren landbodem met conventionele methoden.
   Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
   hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
   dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
   aanbesteder te overleggen.
   Eventuele minimumeisen:
   Beschrijving: Het door de inschrijver gehanteerde VGM-beheerssysteem en
   de toepassing daarvan voldoen aan de vigerende VGM Checklist Aannemers.
   Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
   kwaliteitscontrole.
   Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
   Beschrijving: De aannemer dient een referentieproject te kunnen
   overleggen van 1 project op het gebied van asfaltwerken met een
   aanneemsom van tenminste 500 000 EUR exclusief btw te hebben uitgevoerd
   over de afgelopen 5 jaar.
   Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar.
   Bewijsstuk: Referenties.
   Beschrijving: De inschrijver moet in het bezit zijn van een
   kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001
   'Kwaliteitsmanagementsystemen  Eisen', dat betrekking heeft op de aard
   van het werk.
   Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
   kwaliteitscontrole.
   Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
   Beschrijving: De inschrijver moet in het bezit te zijn van een
   kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 14001 Model voor
   milieumanagementsysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk.
   Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling,
   die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in
   Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van
   inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers
   in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
   kwaliteitssysteemcertificaat.
   Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
   Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
   Beschrijving: De inschrijver dient te beschikken over een vigerend
   certificaat volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 7001.
   Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
   Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
   III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
   III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
   III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
   III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
   personeel
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
   schrijven of deel te nemen
   IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
   of de dialoog
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Laagste prijs
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
   H-231 (zaaknummer 1259854)
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   neen
   IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
   stukken of het beschrijvende document
   Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang
   tot documenten: 21.3.2016 - 13:00
   Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
   IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
   deelnemingsaanvragen
   21.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
   deelneming aan geselecteerde gegadigden
   IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
   verzoeken tot deelneming
   Nederlands.
   IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
   gestand moet doen
   dagen: 75 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
   IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
   Datum: 21.3.2016 - 13:00
   Plaats:
   Stadhuis gemeente Hoorn. Alleen inschrijvingen die via TenderNed worden
   ingediend, worden meegenomen in de aanbesteding.
   Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
   Periodieke opdracht: neen
   VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.3)Nadere inlichtingen
   Mededelingen uitwisseling van informatie met betrekking tot dit werk
   worden gedaan door middel van de aanbestedingswebsite
   [14]www.tenderned.nl (hierna te noemen TenderNed). Vragen per fax,
   post, e-mail, mondelinge of telefonische vragen worden niet beantwoord.
   De vragen kunnen tot en met uiterlijk maandag, 22.2.2016 uitsluitend
   worden gesteld via TenderNed.
   De nota van inlichtingen is uiterlijk dinsdag, 8.3.2016 te downloaden
   van TenderNed.
   Een aanwijzing ter plaatse wordt niet gehouden. Het werk ligt in
   openbaar gebied en is vrij toegankelijk.
   Vergoeding van de inschrijvingskosten:
   Een vergoeding van de inschrijvingskosten is van toepassing voor
   maximaal 3 inschrijvers, deze is vast en bedraagt 2 000 EUR exclusief
   de omzetbelasting. De 3 geldige inschrijvingen welke als tweede, derde
   en vierde inschrijver op laagste prijs hebben ingeschreven komen in
   aanmerking voor deze vergoeding. De vergoeding is niet van toepassing
   voor de inschrijver aan wie het werk is opgedragen.
   Binnen 4 weken nadat het werk is opgedragen, stelt de aanbesteder vast
   welke inschrijvers voor een vergoeding in aanmerking komen en doet hij
   deze hiervan gelijktijdig mededeling per e-mail. Alleen de aannemers
   die in aanmerking komen voor een vergoeding ontvangen een e-mail van de
   aanbesteder. In de e-mail verzoekt de aanbesteder de aannemer om een
   factuur in te dienen van 2 000 EUR exclusief de omzetbelasting, onder
   vermelding van het desbetreffende codenummer(s).
   Betaling van de vergoeding aan de desbetreffende inschrijvers vindt
   plaats binnen 10 weken nadat het werk is opgedragen.
   VI.4)Beroepsprocedures
   VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   Rechtbank Noord-Holland
   Jansstraat 81
   2011 RW Haarlem
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 238884444
   Internetadres:
   [15]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
   es/default.aspx
   Fax: +31 238884888
   Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
   Rechtbank Noord-Holland
   Jansstraat 81
   2011 RW Haarlem
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 238884444
   Internetadres:
   [16]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
   es/default.aspx
   Fax: +31 238884888
   VI.4.2)Instellen van beroep
   Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een
   beroep: 1. De aanbesteder is niet verplicht de opdracht te verlenen.
   Alan een dergelijk besluit, alsmede aan een verzoek tot aanvulling van
   de inschrijving of aan andere mededelingen of gedragingen van de
   aanbesteder voorafgaand aan het gunningsbesluit of aan het besluit om
   de opdracht niet te verlenen, kunnen door inschrijvers geen aanspraken
   op de opdracht of op vergoeding van inschrijvingskosten, verlies aan
   referentie, gederfde winst of andere schade jegens de aanbesteder
   worden ontleend. De inschrijvers hebben geen aanspraak jegens de
   aanbesteder op vergoeding van hun kosten van deelneming aan de
   aanbestedingsprocedure.
   De aanbesteder behoudt zich te allen tijde het recht voor de
   aanbestedingsprocedure stop te zetten zonder opgaaf van reden.
   2. De aanbesteder doet schriftelijk mededeling van zijn voorlopige
   gunningsbeslissing aan alle geldige en geschikte inschrijvers.
   3. De aanbesteder neemt een termijn van 20 kalenderdagen in acht
   voordat hij de met de voorlopige gunningsbeslissing beoogde
   overeenkomst sluit. De termijn vangt aan op de dag na de datum waarop
   de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing is verzonden aan de
   betrokken inschrijvers.
   4. Inschrijvers die het niet eens zijn met de voorlopige
   gunningsbeslissing dienen binnen de in lid 3 genoemde termijn een kort
   geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
   Noord-Holland te Haarlem, op straffe van verval van dit recht.
   Wanneer dit het geval is dient de aanbesteder hiervan op de hoogte te
   worden gesteld via een e-mail aan het volgende e-mail adres:
   [17]gemeente@hoorn.nl
   5. Indien gedurende de in lid 3 bedoelde termijn een onmiddellijke
   voorziening bij voorraad wordt verzocht met betrekking tot de
   voorlopige gunningsbeslissing, sluit de aanbesteder de met die
   beslissing beoogde overeenkomst niet eerder dan nadat de
   Voorzieningenrechter een beslissing heeft genomen over het verzoek tot
   voorlopige maatregelen en de termijn, bedoeld in lid 3, is verstreken.
   VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   Rechtbank Noord-Holland
   Jansstraat 81
   2011 RW Haarlem
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 238884444
   Internetadres:
   [18]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
   es/default.aspx
   Fax: +31 238884888
   VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kombiwagen - CZ-Prag
Kombiwagen
Spezialfahrzeuge
Nutzfahrzeuge
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
Dokument Nr...: 32673-2016 (ID: 2016013009035571829)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  CZ-Prag: Kombiwagen
   2016/S 21/2016 32673
   Hlavní msto Praha, 00064581, Mariánské námstí 2/2, Korunní 98, Praha
   10, Praha 110 00, TSCHECHISCHE REPUBLIK. E-Mail: zakazky@mppraha.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 17.12.2015, [1]2015/S
   244-443259)
   Betr.:
   CPV:34111100, 34114000, 34144700, 34120000
   Kombiwagen
   Spezialfahrzeuge
   Nutzfahrzeuge
   Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
   Anstatt:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   3.2.2016 (9:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   3.2.2016 (9:00)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   11.3.2016 (9:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   11.3.2016 (9:00)
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443259-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 30/01/2016    S21    - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
   ízení
   eská republika-Praha: Kombi
   2016/S 021-032673
   Hlavní msto Praha, 00064581, Mariánské námstí 2/2, Korunní 98, Praha
   10, Praha 110 00, ESKÁ REPUBLIKA. E-mail: zakazky@mppraha.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 17.12.2015, [1]2015/S
   244-443259)
   Pedmt:
   CPV:34111100, 34114000, 34144700, 34120000
   Kombi
   Specializovaná vozidla
   Uitková vozidla
   Motorová vozidla pro pepravu více ne 10 lidí
   Namísto:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   3.2.2016 (9:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   3.2.2016 (9:00)
   tte:
   IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
   11.3.2016 (9:00)
   IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
   11.3.2016 (9:00)
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen - UK-Cambridge
Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Dokument Nr...: 3273-2016 (ID: 2016010609131640631)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  UK-Cambridge: Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
   2016/S 3/2016 3273
   Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   The Police and Crime Commissioner for Cambridgeshire
   N/A
   S. Cambridgeshire Hall, Cambourne Business ParK, Cambourne
   Kontaktstelle(n): Procurement Enquiries
   CB23 6EA Cambridge
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 101
   E-Mail: [5]ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [6]http://www.bedfordshire.police.uk
   Adresse des Beschafferprofils:
   [7]https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [8]https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUEL
   IGHT
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   85140000
   Beschreibung
   Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust
   Elizabeth House, Fulbourn Hospital
   CB21 5EF Fulbourn
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Internet-Adresse: [9]http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert Anzahl der Jahre 2
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   High Court (England, Wales and Northern Ireland)
   Internet-Adresse: [10]https://www.judiciary.gov.uk
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
References
   5. mailto:ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk?subject=TED
   6. http://www.bedfordshire.police.uk/
   7. https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
   8. https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUELIGHT
   9. http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
  10. https://www.judiciary.gov.uk/
OT: 06/01/2016    S3    - - Services - Voluntary ex ante transparency
   notice - Contract award without prior publication
   United Kingdom-Cambridge: Miscellaneous health services
   2016/S 003-003273
   Voluntary ex ante transparency notice
   This notice is covered by: Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority/entity
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   The Police and Crime Commissioner for Cambridgeshire
   N/A
   S. Cambridgeshire Hall, Cambourne Business ParK, Cambourne
   Contact point(s): Procurement Enquiries
   CB23 6EA Cambridge
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 101
   E-mail: [6]ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority/entity:
   [7]http://www.bedfordshire.police.uk
   Address of the buyer profile:
   [8]https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
   Electronic access to information:
   [9]https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUEL
   IGHT
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Public order and safety
   1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
   The contracting authority/entity is purchasing on behalf of other
   contracting authorities/entities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Provision of an Integrated Mental Health Team by Cambridgeshire and
   Peterborough NHS Foundation Trust.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 25: Health and social services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Cambridgeshire.
   NUTS code UKH
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   This VEAT notice is for the award of a 12 month contract to
   Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust (CPFT) for the
   provision of an Integrated Mental Health Team within the Constabulary
   Force Control Room. The justification for the award of a 12 month
   contract extension is the continued access to the RiO case management
   system which is restricted to CPFT staff only and to move away from
   this system would mean losing a lot of historical data. The CPFT have
   indicated they would have to seek the permission of each and every
   client to provide their personal data  many of the people the provider
   work with may not have the ability to give such permission. Therefore
   another provider would be unable to access the information the officers
   and staff need to make informed decisions about the care of someone in
   crisis. This is the crux of the service.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   85140000
   II.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 180 000 GBP
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   Award of a contract without prior publication of a contract notice in
   the Official Journal of the European Union (in the cases listed in
   Section 2 of Annexes D1, D2 or D3 as appropriate)
   Justification for the choice of the negotiated procedure without prior
   publication of a contract notice in the OJEU in accordance with
   Directive 2004/18/EC
   The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer
   for reasons that are: connected with the protection of exclusive rights
   Other justification for the award of the contract without prior
   publication of a contract notice in the OJEU
   The contract falls outside the scope of application of the Directive
   The justification for the award of a 12 month contract extension is the
   continued access to the RiO case management system which is restricted
   to CPFT staff only and to move away from this system would mean losing
   a lot of historical data. The CPFT have indicated they would have to
   seek the permission of each and every client to provide their personal
   data  many of the people the provider work with may not have the
   ability to give such permission. Therefore another provider would be
   unable to access the information the officers and staff need to make
   informed decisions about the care of someone in crisis. This is the
   crux of the service.
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   IV.2.2)Information about electronic auction
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting
   authority/entity
   C-2-0195-15
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   Section V: Award of contract
   Contract No: 1 Lot No: 1 Lot title: Integrated Mental Health Provision
   V.1)Date of contract award decision:
   4.1.2016
   V.2)Information about offers
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust
   Elizabeth House, Fulbourn Hospital
   CB21 5EF Fulbourn
   UNITED KINGDOM
   Internet address: [10]http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
   V.4)Information on value of contract
   Initial estimated total value of the contract:
   Value: 180 000 GBP
   Excluding VAT
   If annual or monthly value Number of years 2
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   High Court (England, Wales and Northern Ireland)
   Internet address: [11]https://www.judiciary.gov.uk
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - ES-El Ejido
Arzneimittel
Dokument Nr...: 32773-2016 (ID: 2016013009053871931)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  ES-El Ejido: Arzneimittel
   2016/S 21/2016 32773
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
   ctra. de Almerimar, s/n
   04700 El Ejido
   SPANIEN
   Telefon: +34 950022572
   E-Mail: [4]mariaafrica.garcia@ephpo.es
   Fax: +34 950022755
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ephpo.es
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33600000
   Beschreibung
   Arzneimittel.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 7.3.2016 - 14:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Spanisch.
References
   4. mailto:mariaafrica.garcia@ephpo.es?subject=TED
   5. http://www.ephpo.es/
OT: 30/01/2016    S21    - - Suministros - Anuncio de licitación -
   Procedimiento abierto
   España-El Ejido: Productos farmacéuticos
   2016/S 021-032773
   Anuncio de licitación
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
   ctra. de Almerimar, s/n
   04700 El Ejido
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 950022572
   Correo electrónico: [6]mariaafrica.garcia@ephpo.es
   Fax: +34 950022755
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.ephpo.es
   Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
   arriba
   El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
   los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
   dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto
   mencionados arriba
   Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos
   de contacto mencionados arriba
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Organismo de Derecho público
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Salud
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
   adjudicadores: no
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
   Suministro de sueros con destino a la Agencia Pública Sanitaria
   Poniente.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: Área de Farmacia de los centros hospitalarios de la Agencia
   Pública Sanitaria Poniente.
   Código NUTS ES611,ES614
   II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
   sistema dinámico de adquisición
   El anuncio se refiere a un contrato público
   II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
   II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Suministro de sueros con destino a la Agencia Pública Sanitaria
   Poniente.
   II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
   II.1.8)Lotes
   El contrato está dividido en lotes: sí
   Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes
   II.1.9)Información sobre las variantes
   Se aceptarán variantes: no
   II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
   II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
   Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco euros (249
   375 EUR) IVA excluido.
   Valor estimado IVA excluido: 498 750 EUR
   II.2.2)Información sobre las opciones
   Opciones: no
   II.2.3)Información sobre las renovaciones
   Este contrato podrá ser renovado: sí
   II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   Información relativa a los lotes
   Lote Nº: 1 Denominación: S. fisiológico 100 ml bolsa
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Setenta y dos mil ochocientos setenta y cinco euros (72 875 EUR) IVA
   excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 2 Denominación: S. fisiológico 50 ml bolsa
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Cincuenta y tres mil euros (53 000 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 3 Denominación: S. fisiológico 1 000 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Treinta y dos mil seiscientos veinticinco euros (32 625 EUR) IVA
   excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 4 Denominación: S. fisiológico 500 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Treinta y seis mil doscientos sesenta euros (36 260 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 5 Denominación: S. fisiológico irrigación 500 ml envase de
   plástico semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Ocho mil setecientos cuarenta euros (8 740 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 6 Denominación: S. glucosa 5 % 1 000 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Dos mil seiscientos diez euros (2 610 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 7 Denominación: S. glucosa 5 % 500 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Tres mil trescientos treinta euros (3 330 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 8 Denominación: S. glucosalino 1 000 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Cuatro mil setecientos ochenta y cinco euros (4 785 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 9 Denominación: S. glucosalino 500 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Doce mil doscientos diez euros (12 210 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 10 Denominación: S. ringer 500 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Trece mil trescientos veinte euros (13 320 EUR)  IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Lote Nº: 11 Denominación: S. ringer lactato 500 ml envase de plástico
   semirígido
   1)Breve descripción
   2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   33600000
   3)Cantidad o extensión
   Nueve mil seiscientos veinte euros (9 620 EUR) IVA excluido.
   4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
   ejecución del contrato
   Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
   5)Información adicional sobre los lotes
   Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
   Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
   técnico
   III.1)Condiciones relativas al contrato
   III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
   Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
   III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
   referencia a las disposiciones que las regulan:
   Véanse pliegos de condiciones.
   III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
   económicos adjudicataria del contrato:
   Véanse pliegos de condiciones.
   III.1.4)Otras condiciones particulares
   La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
   III.2)Condiciones de participación
   III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
   exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
   mercantil
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos: Véanse pliegos de condiciones.
   III.2.2)Capacidad económica y financiera
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos: Véanse pliegos de condiciones.
   III.2.3)Capacidad técnica
   Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
   requisitos:
   Véanse pliegos de condiciones.
   III.2.4)Información sobre contratos reservados
   III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
   III.3.1)Información sobre una profesión concreta
   III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
   licitar o participar
   IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
   diálogo
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
   enumerados a continuación
   1. Oferta económica (valoración automática). Ponderación 65
   2. Oferta técnica (valoración no automática). Ponderación 35
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   Se realizará una subasta electrónica: no
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente:
   PA 1/16
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   no
   IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
   documentación complementaria o del documento descriptivo
   Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso
   a los mismos: 7.3.2016 - 14:00
   Documentos sujetos a pago: no
   IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
   participación
   7.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
   invitaciones a licitar o a participar
   IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
   solicitudes de participación
   español.
   IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
   mantener su oferta
   Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de
   ofertas)
   IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
   Lugar:
   El acto público de la Mesa de Contratación será anunciado mediante fax
   con 48 horas de antelación.
   Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: no
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre la periodicidad
   Se trata de contratos periódicos: sí
   Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: Se
   estima una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga de
   12 meses.
   VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
   Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
   fondos de la Unión Europea: no
   VI.3)Información adicional
   Si la fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
   participación fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
   siguiente día hábil. El 6.3.2016 es domingo, por lo que la fecha límite
   para la recepción de ofertas y solicitudes de participación se pasa al
   7.3.2016.
   Conforme a lo establecido en el artículo 159 del Texto Refundido de la
   Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de presentación de
   proposiciones para este procedimiento de reduce de 52 días a 40 días.
   VI.4)Procedimientos de recurso
   VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
   ctra. de Almerimar, s/n
   04700 El Ejido (Almería)
   ESPAÑA
   Correo electrónico: [8]mariaafrica.garcia@ephpo.es
   Teléfono: +34 950022572
   Fax: +34 950022755
   Órgano competente para los procedimientos de mediación
   Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
   ctra. de Almerimar, s/n
   04700 El Ejido (Almería)
   ESPAÑA
   Correo electrónico: [9]mariaafrica.garcia@ephpo.es
   Teléfono: +34 950022572
   Fax: +34 950022755
   VI.4.2)Presentación de recursos
   VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
   ctra. de Almerimar, s/n
   04700 El Ejido (Almería)
   ESPAÑA
   Correo electrónico: [10]mariaafrica.garcia@ephpo.es
   Teléfono: +34 950022572
   Fax: +34 950022755
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Inkontinenzsätze - IT-Treviso
Inkontinenzsätze
Dokument Nr...: 32873-2016 (ID: 2016013009064372031)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  IT-Treviso: Inkontinenzsätze
   2016/S 21/2016 32873
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   I.S.R.A.A.  Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
   Borgo Mazzini 48
   Kontaktstelle(n): Ufficio Economato
   31100 Treviso
   ITALIEN
   Telefon: +39 04224146
   E-Mail: [4]info@israa.it, [5]israa@pec.it
   Fax: +39 0422414414
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.israa.it
   Adresse des Beschafferprofils: [7]http://www.israa.it
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]http://www.israa.it
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33141621
   Beschreibung
   Inkontinenzsätze.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   7.3.2016 - 13:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Italienisch.
References
   4. mailto:info@israa.it?subject=TED
   5. mailto:israa@pec.it?subject=TED
   6. http://www.israa.it/
   7. http://www.israa.it/
   8. http://www.israa.it/
OT: 30/01/2016    S21    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
   Italia-Treviso: Prodotti per l'incontinenza
   2016/S 021-032873
   Bando di gara
   Forniture
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   I.S.R.A.A.  Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
   Borgo Mazzini 48
   Punti di contatto: Ufficio Economato
   31100 Treviso
   ITALIA
   Telefono: +39 04224146
   Posta elettronica: [6]info@israa.it, [7]israa@pec.it
   Fax: +39 0422414414
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [8]http://www.israa.it
   Indirizzo del profilo di committente: [9]http://www.israa.it
   Accesso elettronico alle informazioni: [10]http://www.israa.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
   sopra indicati
   Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
   documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
   acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
   indicati
   Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
   contatto sopra indicati
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Organismo di diritto pubblico
   I.3)Principali settori di attività
   Altro: assistenza anziani
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
   aggiudicatrice:
   Somministrazione prodotti per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti.
   Lotto unico.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Forniture
   Acquisto
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Comune di Treviso.
   Codice NUTS ITD34
   II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
   sistema dinamico di acquisizione (SDA)
   L'avviso riguarda un appalto pubblico
   II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
   II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Somministrazione prodotti per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti.
   Lotto unico.
   II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   33141621
   II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
   II.1.8)Lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.1.9)Informazioni sulle varianti
   Ammissibilità di varianti: no
   II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
   II.2.1)Quantitativo o entità totale:
   Importo presunto 400 000 EUR (IVA esclusa) all'anno per ciascuno dei 6
   anni contrattuali.
   II.2.2)Opzioni
   Opzioni: no
   II.2.3)Informazioni sui rinnovi
   L'appalto è oggetto di rinnovo: no
   II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
   Durata in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
   Cauzione provvisoria e cauzione definitiva con le modalità indicate nel
   capitolato speciale.
   III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   Fondi propri di bilancio. I pagamenti avverranno con le modalità
   indicate nel capitolato speciale.
   III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
   operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
   Per i raggruppamenti di impresa si applicano le disposizioni di cui
   all'art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.
   III.1.4)Altre condizioni particolari
   La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
   requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
   registro commerciale
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: La partecipazione è riservata alle sole ditte che esercitano
   da almeno 3 anni attività di vendita di prodotti monouso per
   incontinenza e linea igiene degli ospiti presso strutture collettive
   per anziani e disabili, pubbliche o private, ed hanno fatturato negli
   anni 2012, 2013, 2014 per le medesime attività un importo non inferiore
   a 1 200 000 EUR (IVA esclusa) in ciascuno degli anni indicati.
   Le ditte concorrenti per partecipare alla gara dovranno presentare le
   dichiarazioni e la documentazione amministrativa indicate nel
   capitolato speciale.
   III.2.2)Capacità economica e finanziaria
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Come al punto III.2.1).
   III.2.3)Capacità tecnica
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti:
   Come al punto III.2.1).
   III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
   III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
   III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
   III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
   unofferta
   IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
   dialogo
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
   capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
   oppure nel documento descrittivo
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice:
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
   complementari o il documento descrittivo
   Documenti a pagamento: no
   IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
   partecipazione
   7.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
   presentare offerte o a partecipare
   IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
   domande di partecipazione
   italiano.
   IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
   propria offerta
   in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
   IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
   Data: 9.3.2016 - 15:30
   Luogo:
   Sede Menegazzi, Via Noalese 40  31100 Treviso.
   Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
   Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
   apertura: Durante la seduta pubblica potranno formulare eventuali
   osservazioni da mettere a verbale solamente i legali rappresentanti
   delle ditte concorrenti ed i soggetti che esibiranno al Presidente
   della Commissione una procura speciale, con firma autenticata nelle
   forme di legge.
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sulla periodicità
   Si tratta di un appalto periodico: no
   VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.3)Informazioni complementari
   Tutti i documenti per partecipare alla gara sono disponibili per via
   elettronica sul sito della stazione appaltante [11]www.israa.it con
   accesso libero, diretto e completo.
   Il Capitolato speciale forma parte integrante del presente Bando.
   Prestazione principale dell'appalto: fornitura di prodotti. Prestazioni
   secondarie: servizio trasporto, consulenze e servizi post-vendita.
   RUP (responsabile unico procedimento): dott. Marco Giacon.
   CIG (Codice Identificativo di Gara): 65575705F3.
   VI.4)Procedure di ricorso
   VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR Veneto
   Canareggio 2277/2278
   31100 Venezia
   ITALIA
   VI.4.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si
   applicano gli art. 243-bis e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.
   VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) - FR-Talence
Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
Dokument Nr...: 32973-2016 (ID: 2016013009075172141)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  FR-Talence: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
   2016/S 21/2016 32973
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   CNRS  Délégation Aquitaine
   Esplanade des Arts et Métiers  BP 105
   Zu Händen von: Julien Val
   33402 Talence Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 557355863
   E-Mail: [4]julien.val@cnrs.fr
   Fax: +33 557355801
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cnrs.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   38000000
   Beschreibung
   Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser).
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.3.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:julien.val@cnrs.fr?subject=TED
   5. http://www.cnrs.fr/
   6. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   7. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   8. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
OT: 30/01/2016    S21    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Talence: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision
   (excepté les lunettes)
   2016/S 021-032973
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   CNRS  Délégation Aquitaine
   Esplanade des Arts et Métiers  BP 105
   À l'attention de: Julien Val
   33402 Talence Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 557355863
   E-mail: [6]julien.val@cnrs.fr
   Fax: +33 557355801
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.cnrs.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Accès électronique à l'information:
   [9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique:
   [10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Autre: Recherche
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Acquisition, livraison, installation et mise en service d'une structure
   pour le fibrage de verre à Tg basses et modérées pour le compte de
   l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (I.C.M.C.B.)
   du CNRS.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Institut de Chimie de la Matière Condensée
   de
   Bordeaux (ICMCB)
   Unité propre de Recherche n°9048
   87 avenue du Dr Albert Schweitzer  33608 Pessac
   cedex  France.
   Code NUTS FR612
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Acquisition d'une structure pour le fibrage de verre à bas Tg.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   38000000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Acquisition d'une structure pour le fibrage de verre à bas Tg.
   Valeur estimée hors TVA:
   fourchette: entre 180 000 et 200 000 EUR
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 6 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Néant.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Le financement est assuré par les ressources budgétaires du CNRS. Une
   avance de 10 % est prévue dans le cadre du marché. Le règlement du
   marché est effectué sur présentation de factures d'acompte par virement
   administratif dans les 30 jours à compter de la date de réception de la
   facture ou de la date de la réalisation de la prestation.
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Les règles relatives au groupement d'opérateurs économiques sont fixées
   à l'article 22 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
   Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement
   conjoint ou solidaire.
   Toutefois, les candidats sont informés que:
    il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs
   offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
   membres d'un ou plusieurs groupements,
    il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs
   offres en agissant en qualité de membres de plusieurs groupements,
    le groupement attributaire du marché est contraint d'assurer sa
   transformation en groupement solidaire.
   Excepté en cas de liquidation judiciaire ou d'impossibilité
   indépendante de la volonté des membres du groupement, la composition de
   celui-ci ne peut être modifiée entre la date remise de la candidature
   et la date designature de marché.
   Dans ce cas, le groupement peut demander au CNRS l'autorisation de
   participer à la consultation sans ce(s)membre(s), le cas échéant en
   proposant un ou plusieurs sous-traitants.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si
   ces exigences sont remplies: La lettre de candidature établie sur
   l'imprimé DC1.
   Les pouvoirs de la personnes habilitée à engager la société.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: La copie du ou des jugements prononcés dans le cas où le
   candidat est en redressement judiciaire (impriméDC2).
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer
   si ces exigences sont remplies:
    la liste des principales prestations réalisées en lien avec l'objet
   du marché effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le
   montant, la date et le destinataire public ou privé, ainsi qu'un
   contact auprès duquel des renseignement complémentaires pourront être
   obtenus,
    les effectifs du candidat et l'importance du personnel
   d'encadrement,
    le matériel et l'équipement technique dont il dispose.
    Une note de présentation de l'entreprise décrivant
   notamment son organisation, ses moyens matériels,
   ses effectifs
    Des certificats de qualité ou de capacités délivrés par
   des organismes indépendants ou moyens de preuve
   équivalents, notamment des certificats de qualifications
   professionnelles ou de conformité à des spécifications
   techniques.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
   linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
   descriptif
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   15 15 018
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   15.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   FRANCE
   Organe chargé des procédures de médiation
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux
   FRANCE
   Téléphone: +33 556993800
   Adresse internet: [11]http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet  BP 947
   33063 Bordeaux
   FRANCE
   Téléphone: +33 556993800
   Adresse internet: [12]http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör - BE-Gent
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
Dokument Nr...: 33073-2016 (ID: 2016013009083972242)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  BE-Gent: Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
   2016/S 21/2016 33073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stad Gent
   Botermarkt 1
   9000 Gent
   BELGIEN
   Telefon: +32 92667780
   Fax: +32 92667379
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.gent.be
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   39220000
   Beschreibung
   Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Broos-Trading BVBA
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. http://www.gent.be/
OT: 30/01/2016    S21    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare
   procedure
   België-Gent: Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en
   cateringbenodigdheden
   2016/S 021-033073
   Aankondiging van een gegunde opdracht
   Leveringen
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Stad Gent
   Botermarkt 1
   9000 Gent
   BELGIË
   Telefoon: +32 92667780
   Fax: +32 92667379
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [6]www.gent.be
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
   Raamovereenkomst voor het leveren van keukenbenodigdheden.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Leveringen
   Aankoop
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Grondgebied stad Gent.
   NUTS-code BE234
   II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
   aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
   II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Raamovereenkomst voor het leveren van keukenbenodigdheden.
   II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   39220000
   II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
   1. Prijs. Weging 70
   2. Duurzaamheid. Weging 30
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
   ECO/2015/025 - ID2547
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   Aankondiging van een opdracht
   Nummer van de aankondiging in het PBEU: [7]2015/S 197-356430 van
   10.10.2015
   Afdeling V: Gunning van een opdracht
   Opdracht nr: 1 Titel: Raamovereenkomst voor het leveren van
   keukenbenodigdheden
   V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
   7.1.2016
   V.2)Informatie over inschrijvingen
   Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
   V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
   Broos-Trading BVBA
   V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
   V.5)Inlichtingen over uitbesteding
   De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.2)Nadere inlichtingen:
   Opgelet:
   Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder
   opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van
   e-Notification.
   Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de
   hiervoor aangemaakte knop te drukken toevoegen aan favorieten en de
   functie messaging te activeren.
   U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
   VI.3)Beroepsprocedures
   VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.3.2)Instellen van beroep
   VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Polizeiausrüstung - DE-Wiesbaden
Polizeiausrüstung
Dokument Nr...: 33173-2016 (ID: 2016013009093672343)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  DE-Wiesbaden: Polizeiausrüstung
   2016/S 21/2016 33173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
   Willy-Brandt-Allee 20
   Zu Händen von: Elke Herborn
   65197 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 611/8801-0
   E-Mail: [6]vergabe.ptlv@polizei.hessen.de
   Fax: +49 611/8801-3109
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://vergabe.hessen.de
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Öffentliche Sicherheit und Ordnung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Rahmenvertrag zur Lieferung von Verkehrssignal-Warnfackeln.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1), Willy-Brandt-Allee
   20, 65197 Wiesbaden.
   NUTS-Code DE7
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Rahmenvertrag zur Lieferung von Verkehrssignal-Warnfackeln.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   35200000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 323 400 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. 1 Preis. Gewichtung 30
   2. 2 Technik. Gewichtung 70
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   VG-A0008-2015-0041
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 184-333781 vom 23.9.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Rahmenvertrag zur Lieferung von
   Verkehrssignal-Warnfackeln
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   28.1.2016
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
   Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Fritz Sauer Kunst-Feuerwerk-Fabrik
   Westendstr. 19
   86368 Gersthofen
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [10]info@feuerwerk-sauer.de
   Telefon: +49 821-496075
   Fax: +49 821-493319
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 323 400 EUR
   ohne MwSt
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Wilhelminenstraße 1-3
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6151/126601
   Fax: +49 6151/125816
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   28.1.2016
References
   6. mailto:vergabe.ptlv@polizei.hessen.de?subject=TED
   7. http://vergabe.hessen.de/
   8. http://www.vergabe.hessen.de/
   9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333781-2015:TEXT:DE:HTML
  10. mailto:info@feuerwerk-sauer.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Einbauküchen - DE-Duisburg
Einbauküchen
Dokument Nr...: 33273-2016 (ID: 2016013009105272443)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  DE-Duisburg: Einbauküchen
   2016/S 21/2016 33273
   Stadt Duisburg, Sonnenwall 73-75, Hauptamt Einkauf, Zu Händen von: Frau
   Brachmann, Duisburg 47049, DEUTSCHLAND. Telefon: +49 2032838306. Fax:
   +49 2032834747. E-Mail: c.brachmann@stadt-duisburg.de
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
   250-458248)
   Betr.:
   CPV:39141400
   Einbauküchen
   Anstatt:
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   4.2.2016 (12:00)
   muss es heißen:
   IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
   Teilnahmeanträge:
   16.2.2016 (12:00)
   Weitere zusätzliche Informationen
   Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
   Ausschreibungsunterlagen.
   Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458248-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung - IT-Udine
Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung
Dokument Nr...: 33373-2016 (ID: 2016013009115672542)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  IT-Udine: Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung
   2016/S 21/2016 33373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Comune di Udine
   Via Lionello 1
   33100 Udine
   ITALIEN
   Telefon: +39 04321272489-480-502
   E-Mail: [4]proceduredigara@comune.udine.it
   Fax: +39 04321270363
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.comune.udine.it
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Comune di Udine
   Via Lionello 1
   Kontaktstelle(n): U.O. Procedure di gara
   33100 Udine
   ITALIEN
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   75130000
   Beschreibung
   Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 14.3.2016 - 12:15
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   14.3.2016 - 12:15
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Italienisch.
References
   4. mailto:proceduredigara@comune.udine.it?subject=TED
   5. http://www.comune.udine.it/
OT: 30/01/2016    S21    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
   Italia-Udine: Servizi di supporto per il governo
   2016/S 021-033373
   Bando di gara
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Comune di Udine
   Via Lionello 1
   33100 Udine
   ITALIA
   Telefono: +39 04321272489-480-502
   Posta elettronica: [6]proceduredigara@comune.udine.it
   Fax: +39 04321270363
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.comune.udine.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
   sopra indicati
   Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
   documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
   acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
   indicati
   Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di
   Udine
   Via Lionello 1
   Punti di contatto: U.O. Procedure di gara
   33100 Udine
   ITALIA
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Autorità regionale o locale
   I.3)Principali settori di attività
   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
   aggiudicatrice:
   Servizio di gestione di tutte le attività inerenti al procedimento
   sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada,
   leggi nazionali, regionali, e regolamenti e ordinanze, con fornitura
   del relativo software gestionale  vedi Capitolato Speciale d'Appalto
   (di seguito C.S.A.).
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Udine, vedi art. 1 C.S.A.
   Codice NUTS ITD42
   II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
   sistema dinamico di acquisizione (SDA)
   L'avviso riguarda un appalto pubblico
   II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
   II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Gestione del servizio di cui al punto II.1.1.
   II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   75130000
   II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.1.8)Lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.1.9)Informazioni sulle varianti
   Ammissibilità di varianti: no
   II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
   II.2.1)Quantitativo o entità totale:
   Entità totale: importo complessivo a base d'appalto 969 000 EUR (I.V.A.
   esclusa. Spese postali escluse). Gli oneri per la sicurezza, derivanti
   da rischi da interferenza, ammontano a 0 EUR.
   Valore stimato, IVA esclusa: 969 000 EUR
   II.2.2)Opzioni
   Opzioni: no
   II.2.3)Informazioni sui rinnovi
   L'appalto è oggetto di rinnovo: no
   II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
   Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
   Cauzione provvisoria: 2 %, arrotondato per difetto, dell'importo di 969
   000 EUR. Cauzione definitiva: 10 % dell'importo contrattuale. Vedi art.
   14 C.S.A. e Allegato 2 al C.S.A.
   III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   Fondi propri. Pagamenti: vedi art. 7 C.S.A.
   III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
   operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
   Raggruppamento di imprese ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 (vedi Allegato 2
   al C.S.A.).
   III.1.4)Altre condizioni particolari
   La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
   requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
   registro commerciale
   III.2.2)Capacità economica e finanziaria
   III.2.3)Capacità tecnica
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti:
   Si veda Allegato 2 al C.S.A.
   III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
   III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
   III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
   no
   III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
   professionali del personale incaricato della prestazione del servizio:
   sì
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
   unofferta
   IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
   dialogo
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
   capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
   oppure nel documento descrittivo
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice:
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
   complementari o il documento descrittivo
   Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
   ai documenti: 14.3.2016 - 12:15
   Documenti a pagamento: no
   IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
   partecipazione
   14.3.2016 - 12:15
   IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
   presentare offerte o a partecipare
   IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
   domande di partecipazione
   italiano.
   IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
   propria offerta
   in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
   IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
   Data: 17.3.2016 - 9:30
   Luogo:
   Udine, Via Lionello 1.
   Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
   Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
   apertura: Seduta pubblica.
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sulla periodicità
   Si tratta di un appalto periodico: no
   VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.3)Informazioni complementari
   Su procedure di gara  tel. 04321272489-80-502 (U.O. Procedure di
   gara), su aspetti tecnici, tel. 0432/1272321 (U.O. Procedimenti
   Sanzionatori). Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire
   unitamente alla documentazione richiesta nell'Allegato 2 al CSA  pena
   esclusione  entro le ore 12:15 del giorno 14.3.2016 all'indirizzo
   indicato al punto I.1 del presente bando. Non sono ammesse offerte in
   aumento; l'Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici
   competenti, l'anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. del
   D.Lgs. 163/2006. Per modalità di presentazione dell'offerta e
   prescrizioni generali: cfr. Allegato 2 al C.S.A. L'Amministrazione si
   riserva di non riscontrare le richieste di documentazione o di accesso
   pervenute successivamente al termine indicato al punto IV.3.3. Le
   informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno
   essere richieste entro il 7.3.2016 alle ore 12:15; l'Amministrazione si
   riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute
   successivamente. Determinazione di indizione della procedura:
   determinazione dirigenziale n. cron. 149 del 21.1.2016 esec. il
   21.1.2016 C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 655752941E Responsabile
   del Procedimento: il Dirigente del Servizio Polizia Locale: dott.
   Sergio Bedessi. Tutta la documentazione è disponibile presso l'U.O.
   Procedure di Gara, Via Lionello 1, 2° piano, Udine, e sul sito Internet
   [8]www.comune.udine.it. La documentazione potrà richiedersi con invio
   busta formato A4 affrancata con 10 EUR recante l'indirizzo della Ditta.
   F.to dott. Sergio Bedessi.
   VI.4)Procedure di ricorso
   VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
   Piazza dell'Unità d'Italia 7
   34121 Trieste
   ITALIA
   Telefono: +39 0406724711
   VI.4.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
   giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
   VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen - IT-Legnago
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 33473-2016 (ID: 2016013009124172639)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  IT-Legnago: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
   2016/S 21/2016 33473
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Legnago Servizi SpA
   Via Pasubio 14/A
   37045 Legnago (VR)
   ITALIEN
   Telefon: +39 0442605311
   E-Mail: [4]legnago.servizi@lesespa.it
   Fax: +39 0442605318
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.lesespa.it
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90510000
   Beschreibung
   Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 14.3.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.3.2016 - 13:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Italienisch.
References
   4. mailto:legnago.servizi@lesespa.it?subject=TED
   5. http://www.lesespa.it/
OT: 30/01/2016    S21    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
   Italia-Legnago: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
   2016/S 021-033473
   Bando di gara
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Legnago Servizi SpA
   Via Pasubio 14/A
   37045 Legnago (VR)
   ITALIA
   Telefono: +39 0442605311
   Posta elettronica: [6]legnago.servizi@lesespa.it
   Fax: +39 0442605318
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]http://www.lesespa.it
   Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
   sopra indicati
   Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
   documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
   acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
   indicati
   Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
   contatto sopra indicati
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Altro: impresa di servizi a capitale misto pubblico  privato
   I.3)Principali settori di attività
   Ambiente
   Altro: costruzione e gestione impianti di smaltimento
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
   aggiudicatrice:
   Accordo quadro con più operatori economici per il servizio di trasporto
   e smaltimento percolato da discarica CER 190703  CIG 655770555B.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e
   delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Loc. Torretta  37045 Legnago (VR) 
   Italia.
   Codice NUTS ITD31
   II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
   sistema dinamico di acquisizione (SDA)
   Lavviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
   II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
   Accordo quadro con diversi operatori
   numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 6
   Durata dell'accordo quadro
   Durata in mesi: 12
   Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo
   quadro
   Valore stimato, IVA esclusa:
   Valore: tra 520 900 e 1 301 800 EUR
   II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   L'appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con più
   operatori economici da Servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto
   CER 190703 percolato di discarica. È previsto il prelievo del percolato
   da apposite cisterne di stoccaggio site presso il Sistema Integrato di
   trattamento e smaltimento RSNP in località Torretta di Legnago (VR) e
   il trasporto e successivo smaltimento presso gli impianti di
   smaltimento individuati dall'offerente e appositamente autorizzati.
   CPV  Oggetto principale: 90510000-5
   CPV  Oggetti complementari: 90512000-9.
   II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   90510000
   II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
   II.1.8)Lotti
   Questo appalto è suddiviso in lotti: no
   II.1.9)Informazioni sulle varianti
   Ammissibilità di varianti: no
   II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
   II.2.1)Quantitativo o entità totale:
   Valore complessivo stimato a base d'asta, comprensivo di rinnovo e IVA
   esclusa, compreso tra 1 040 900 EUR (un milione quarantamilanovecento
   euro) e 2 601 800 EUR (duemilioniseicentounmilaottocento euro), di cui
   300 EUR (trecento euro) per gli oneri per la sicurezza per ciascun
   operatore economico aggiudicatario, non soggetti a ribasso, relativo ad
   un quantitativo presunto compreso tra 40 000 e 100 000 tonnellate di
   percolato.
   II.2.2)Opzioni
   Opzioni: sì
   Descrizione delle opzioni: Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
   II.2.3)Informazioni sui rinnovi
   L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
   Numero di rinnovi possibile: 1
   II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
   Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
   Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
   finanziario e tecnico
   III.1)Condizioni relative all'appalto
   III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
   Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, le offerte devono essere
   corredate da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell'importo posto a
   base di gara da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione,
   ai sensi di legge. L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50
   % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
   accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
   e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
   di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La
   cauzione definitiva verrà calcolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.
   n. 163/2006.
   III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
   riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
   La copertura finanziaria viene assicurata da fondi propri di bilancio.
   I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato
   speciale d'Oneri. Non saranno ammesse cessioni di credito.
   III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
   operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
   Concorrenti di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti
   da imprese singole, riunite e consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del
   D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex art.
   37, comma 8, D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett.
   m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara
   concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di
   controllo di cui all'art. 2359. Saranno altresì esclusi dalla gara i
   concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi,
   che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
   fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 2, lett. b) del Codice.
   III.1.4)Altre condizioni particolari
   La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
   III.2)Condizioni di partecipazione
   III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
   requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
   registro commerciale
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: L'operatore economico dovrà:
    essere iscritto al competete registro delle imprese della C.C.I.A.A.
   con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto; in
   caso di ATI e/o di Consorzi la compatibilità dell'oggetto sociale di
   ciascuna impresa partecipante va rapportata alla parte dell'appalto
   effettivamente svolta;
    non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
   partecipazione alle gare di cui all'art. 38 co. 1 del D.Lgs. n.
   163/2006;
    non essere incorsi nella cause di divieto, decadenza o sospensione di
   cui all'art.67 del D.Lgs. 6.9.2011 n.159;
    nel caso di RTI già costituita, che tutte le imprese associate
   possiedono i requisiti di carattere generale;
    nel caso di consorzi, che tutte le imprese consorziate possiedono i
   requisiti di carattere generale; che nessuna delle consorziate
   partecipi alla presente gara in qualità di altro concorrente;
   Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le
   disposizioni previste dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
   III.2.2)Capacità economica e finanziaria
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
   conformità ai requisiti:
    Il fatturato globale d'impresa, calcolato sull'ultimo triennio
   (2013-2014-2015) non deve essere inferiore a 3 000 000 EUR (euro tre
   milioni).La dimostrazione dovrà essere fornita in conformità all'art.
   41 del D.Lgs. n. 163/2006.
    -presentazione di almeno n.2 dichiarazioni bancarie in originale
   attestanti la capacità finanziaria dell'impresa.
   III.2.3)Capacità tecnica
   Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
   requisiti:
   Le concorrenti devono presentare l'elenco delle principali prestazioni,
   analoghe a quella oggetto della presente gara, effettuate negli ultimi
   3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
   pubblici o privati, delle prestazioni stesse; se trattasi di
   prestazioni di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici,
   esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
   amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di prestazioni di
   servizi effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della
   prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
   concorrente.
   III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
   III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
   III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
   La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
   no
   III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
   Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
   professionali del personale incaricato della prestazione del servizio:
   no
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
   unofferta
   IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
   dialogo
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice:
   Gara dAppalto n. 01CE/2016 - CIG 655770555B
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   no
   IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
   complementari o il documento descrittivo
   Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
   ai documenti: 14.3.2016 - 12:00
   Documenti a pagamento: no
   IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
   partecipazione
   22.3.2016 - 13:00
   IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
   presentare offerte o a partecipare
   IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
   domande di partecipazione
   italiano.
   IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
   propria offerta
   in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
   IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
   Data: 22.3.2016 - 15:00
   Luogo:
   Sede amministrativa Legnago Servizi SpA  Via Pasubio 14/A  Legnago
   (VR)
   Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
   Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
   apertura: Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
   procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento delle
   sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori,
   soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i
   procuratori muniti di regolare delega.
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sulla periodicità
   Si tratta di un appalto periodico: no
   VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.3)Informazioni complementari
   Il disciplinare di gara e gli altri atti di gara potranno, senza oneri,
   essere scaricati dal concorrente direttamente dal sito
   [8]www.lesespa.it
   Eventuali richieste di chiarimenti potranno pervenire a Legnago Servizi
   SpA esclusivamente in forma scritta via PEC all'indirizzo
   [9]lese@pec.lesespa.it e posti all'attenzione del responsabile del
   procedimento entro e non oltre il 14.3.2016. Il presente bando è
   integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme
   relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
   compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
   corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.
   Ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura è
   soggetta alle verifiche tramite AVCPass e i concorrenti devono
   obbligatoriamente registrarsi al suddetto sistema. Il presente bando è
   altresì reperibile sui siti internet di Legnago Servizi SpA e del
   Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Responsabile del
   procedimento è il geom. Manuel Marzari.
   VI.4)Procedure di ricorso
   VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   Tribunale Amministrativo Regionale
   ITALIA
   Organismo responsabile delle procedure di mediazione
   Tribunale Amministrativo Regionale
   Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278
   30121 Venezia (VE)
   ITALIA
   Posta elettronica: [10]Seggen.ve@giustizia-amministrativi.it
   Telefono: +39 0412403911
   Indirizzo internet: [11]http://www.giustizia-amministrativa.it
   Fax: +39 0412403940
   VI.4.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Modi e
   termini fissati dagli artt. da 243-bis a 246 del D.Lgs. 163/2006.
   VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verteileranlage - UK-Norwich
Verteileranlage
Dokument Nr...: 33573-2016 (ID: 2016013009141972743)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  UK-Norwich: Verteileranlage
   2016/S 21/2016 33573
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
   Norfolk
   Zu Händen von: Nathan Stone
   NR4 7UY Norwich
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1603286863
   E-Mail: [4]nathan.stone@nnuh.nhs.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.nnuh.nhs.uk/
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   31213400
   Beschreibung
   Verteileranlage.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   28.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:nathan.stone@nnuh.nhs.uk?subject=TED
   5. http://www.nnuh.nhs.uk/
OT: 30/01/2016    S21    - - Services - Contract notice - Negotiated
   procedure
   United Kingdom-Norwich: Distribution system
   2016/S 021-033573
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
   Norfolk
   For the attention of: Nathan Stone
   NR4 7UY Norwich
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1603286863
   E-mail: [6]nathan.stone@nnuh.nhs.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.nnuh.nhs.uk/
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Health
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
   Distribution and Supply of Clinical and Non-Clinical Products.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   NUTS code UKH13
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Information on framework agreement
   Framework agreement with several operators
   Number of participants to the framework agreement envisaged: 10
   Duration of the framework agreement
   Duration in months: 3
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   The purpose of this notice is to engage in contract with 1 preferred
   supplier. The supplier will be expected to supply and distribute 0-16
   000 000 GBP worth of spend to Norfolk and Norwich University Hospitals
   and 3 partner sites.
   This contract will become a framework that other trusts can access.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   31213400
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: yes
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   The duration of this contract will be for 2 years with the option to
   renew for 1 year.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 0,01 and 16 000 000 GBP
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   As per PQQ / NHS T&C.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   As per PQQ / NHS T&C.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   As per PQQ / NHS T&C.
   III.1.4)Other particular conditions
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: As per PQQ / NHS T&C.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: As per PQQ / NHS T&C.
   Minimum level(s) of standards possibly required: As per PQQ / NHS T&C.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   As per PQQ / NHS T&C.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   As per PQQ / NHS T&C.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Negotiated
   Some candidates have already been selected (if appropriate under
   certain types of negotiated procedures) no
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   Envisaged number of operators: 10
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: yes
   Additional information about electronic auction: An e-Auction will be
   used to determine cost to serve price.
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   28.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kurierdienste - IT-Turin
Kurierdienste
Dokument Nr...: 33673-2016 (ID: 2016013009154372838)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  IT-Turin: Kurierdienste
   2016/S 21/2016 33673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gruppo Torinese Trasporti SpA
   Corso F. Turati 19/6
   Zu Händen von: Dr.ssa Laura Malabaila
   10128 Torino
   ITALIEN
   Telefon: +39 0113044-312
   E-Mail: [4]infogare@gtt.to.it
   Fax: +39 0113044-311
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.gtt.to.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   64120000
   Beschreibung
   Kurierdienste.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 49/2015
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Telecontrol Vigilanza SpA
   Rivoli  Torino
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 664 863,41 EUR
References
   4. mailto:infogare@gtt.to.it?subject=TED
   5. http://www.gtt.to.it/
OT: 30/01/2016    S21    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
   aperta
   Italia-Torino: Servizi di corriere
   2016/S 021-033673
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Gruppo Torinese Trasporti SpA
   Corso F. Turati 19/6
   All'attenzione di: Dr.ssa Laura Malabaila
   10128 Torino
   ITALIA
   Telefono: +39 0113044-312
   Posta elettronica: [6]infogare@gtt.to.it
   Fax: +39 0113044-311
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.gtt.to.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Altro: società per azioni a capitale pubblico
   I.3)Principali settori di attività
   Altro: trasporto ferrotranviario e automobilistico
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Appalto GTT 49/2015  Servizio di distribuzione dei documenti di
   viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in Torino, in prima
   cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica telefonica. CIG
   62119306CC.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi
   i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del
   trasporto di posta
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Torino.
   Codice NUTS ITC11
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Appalto GTT 49/2015  Servizio di distribuzione dei documenti di
   viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in Torino, in prima
   cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica telefonica. CIG
   62119306CC.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   64120000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
   1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
   2. Offerta economica. Ponderazione 40
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   49/2015
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 076-134435 del 18.4.2015
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   Appalto n.: 49/2015 Denominazione: Servizio di distribuzione dei
   documenti di viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in
   Torino, in prima cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica
   telefonica
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   29.9.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 1
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Telecontrol Vigilanza SpA
   Rivoli  Torino
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 664 863,41 EUR
   V.5)Informazioni sui subappalti
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   Si rinvia al disciplinare di gara
   ITALIA
   Organismo responsabile delle procedure di mediazione
   Si rinvia al disciplinare di gara
   ITALIA
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si
   rinvia al disciplinare di gara.
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   Si rinvia al disciplinare di gara
   ITALIA
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten - BG-Plovdiv
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 3373-2016 (ID: 2016010609141340732)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
  BG-Plovdiv: Bauarbeiten
   2016/S 3/2016 3373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   EVN Balgariya Toplofikatsiya EAD
   Hr. G. Danov No. 37
   Zu Händen von: Mariana Zyumbileva
   4000 Plovdiv
   BULGARIEN
   Telefon: +359 32302631
   Fax: +359 32278500
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.evn.bg
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.as
   px?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45000000
   Beschreibung
   Bauarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 143 259 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Auftrags-Nr: 4600003396
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
        ,  175597795
   .    100 . 22  5
   1404 
   BULGARIEN
   Telefon: +359 29515664
   E-Mail: [6]scontrol@techno-link.com
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 143 259 BGN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. http://www.evn.bg/
   5. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
   6. mailto:scontrol@techno-link.com?subject=TED
OT: 06/01/2016    S3    - -  -      -
     
   -:    
   2016/S 003-003373
         
    2004/17/
    : 
   I.1),   /  
      E
   115016602
   . .   37
     :  
   4000 
   
   : +359 32302631
      : .@evn.bg
   : +359 32278500
    /:
      : [6]www.evn.bg
       :
   [7]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.as
   px?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
   I.2) 
   ,        
   I.3)       
          : 
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
           ,
         ,   
         ,   
         ,  
        "  "  .
   ,       -12----11, 
   :        
   ,       , 
           , 
           , 
         "  "  .
   .
   II.1.2)        , 
          
   
      12:    ;  
        ;   
     ; ,   
     
          ,  
         :  
        E.
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /:
           ,
         ,   
         ,   
         ,  
            .
   .
   II.1.5)O   (CPV)
   45000000
   II.1.6)      (GPA)
            (GPA):
   
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 143 259 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
          
   IV.2)  
   IV.2.1)  
   - 
   IV.2.2)   
       : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,   :
   -12----11
   IV.3.2)    
        
         : [8]2012/S 211-347965  1.11.2012
    V:   
   V.1)    
    : 4600003396
      :     
      ,     
    ,        
    ,       
     ,       
       . 
   V.1.1)      :
   24.11.2015
   V.1.2)  
      : 3
   V.1.3)     ,    
        
        ,  175597795
   .    100 . 22  5
   1404 
   
   : +359 29515664
      : [9]scontrol@techno-link.com
   V.1.4)    
        :
   : 143 259 BGN
       
             :
    : 2
   V.1.5)    /
          /: 
   V.1.6)      
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
   VI.3)  
   VI.3.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [10]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [11]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen - FR-Marseille
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 33773-2016 (ID: 2016013009163072937)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  FR-Marseille: Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
   2016/S 21/2016 33773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Aix-Marseille Université
   58 bd Charles Livon
   Zu Händen von: Danielle Henrio
   13284 Marseille Cedex 7
   FRANKREICH
   Telefon: +33 0486136854
   E-Mail: [4]danielle.henrio@univ-amu.fr
   Fax: +33 0491313136
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.univ-amu.fr/
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50720000
   Beschreibung
   Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 5 794,43 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015SAMUAO0183
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Maintenance Thermique
   47 boulevard des Aciéries
   13010 Marseille
   FRANKREICH
   E-Mail: [7]vahamann@nexilis.fr
   Telefon: +33 820902223
   Internet-Adresse: [8]https://www.nexilis.fr
   Fax: +33 491898004
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 794,43 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
References
   4. mailto:danielle.henrio@univ-amu.fr?subject=TED
   5. http://www.univ-amu.fr/
   6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
   7. mailto:vahamann@nexilis.fr?subject=TED
   8. https://www.nexilis.fr/
OT: 30/01/2016    S21    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Négociée sans mise en concurrence
   France-Marseille: Services de réparation et d'entretien de chauffage
   central
   2016/S 021-033773
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Aix-Marseille Université
   58 bd Charles Livon
   À l'attention de: Danielle Henrio
   13284 Marseille Cedex 7
   FRANCE
   Téléphone: +33 0486136854
   E-mail: [6]danielle.henrio@univ-amu.fr
   Fax: +33 0491313136
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.univ-amu.fr/
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Autre: Établissement d'enseignement supérieur et recherche
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Exploitation et maintenance des installations thermiques sur le campus
   de Timone pour la prise en charge d'un bâtiment appelé «bâtiment
   pédagogique»
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Campus Timone,.27 boulevard Jean Moulin 
   13385 Marseille Cedex 05.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Exploitation et maintenance des installations de chauffage, ventilation
   et climatisation de bâtiment pédagogique situé sur le site du Campus
   Timone au 27 boulevard Jean Moulin  13005 Marseille.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   50720000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Valeur: 5 794,43 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée sans publication préalable dun avis de marché
   Justification de lattribution du marché sans publication préalable
   dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
   Directive 2004/18/CE
   1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de
   travaux/services existants et commandés dans des conditions
   rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   217-2015
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015SAMUAO0183 Intitulé: Exploitation et maintenance des
   installations thermiques sur le campus de Timone pour la prise en
   charge d'un bâtiment appelé «bâtiment pédagogique»
   V.1)Date d'attribution du marché:
   15.10.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Maintenance Thermique
   47 boulevard des Aciéries
   13010 Marseille
   FRANCE
   E-mail: [9]vahamann@nexilis.fr
   Téléphone: +33 820902223
   Adresse internet: [10]https://www.nexilis.fr
   Fax: +33 491898004
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 5 794,43 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 2
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Marseille
   22-24 rue Breteuil
   13006 Marseille
   FRANCE
   E-mail: [11]greffe.ta-marseille@juradm.fr
   Téléphone: +33 491134813
   Fax: +33 491811387
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Marseille
   22-24 rue Breteuil
   13006 Marseille
   FRANCE
   E-mail: [12]greffe.ta-marseille@juradm.fr
   Téléphone: +33 491134813
   Fax: +33 491811387
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Architekturentwurf - DE-Friedberg (Hessen)
Architekturentwurf
Planungsleistungen im Bauwesen
Dokument Nr...: 33873-2016 (ID: 2016013009173173032)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  DE-Friedberg (Hessen): Architekturentwurf
   2016/S 21/2016 33873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Land Hessen vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
   (LBIH), Niederlassung Mitte, Zentrale Vergabe
   Schützenrain 5  7
   61169 Friedberg (Hessen)
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6031/167-0
   E-Mail: [6]vof-fbg.info@lbih.hessen.de
   Fax: +49 6031/167-126
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Bildung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Architekten- und Fachplanungsleistungen für den Neubau des
   Forschungsgebäudes Center für Infection and Genomics of the Lung
   (CIGL) am Standort Natur- und Lebenswissenschaften der Universität
   Gießen.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
   Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
   Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
   Beratung, technische Versuche und Analysen
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Gießen.
   NUTS-Code DE72
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Die Justus-Liebig-Universität Gießen plant im Rahmen des
   HEUREKA-Programms die Errichtung eines Forschungsneubaus für das
   Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL) der
   Justus-Liebig-Universität Gießen. Der Neubau soll im biomedizinischen
   Forschungscampus in den Natur- und Lebenswissenschaften entstehen.
   Geplant ist, das CIGL-Gebäude mit direkter Anbindung an das bereits
   vorhandene ECCPS-Gebäude zentral in dem biomedizinischen
   Forschungscampus zu positionieren. Durch die hierdurch realisierte
   direkte Anbindung an das Haus C Seltersberg (ebenfalls weitgehend für
   Lungenforschung genutzt) entsteht ein zusammenhängender Gebäudekomplex
   mit optimaler Funktionalität. Unmittelbar benachbart ist das neue
   Biomedizinische Forschungszentrum Seltersberg (BFS), sowie das in
   Errichtung befindliche medizinische Forschungsgebäude FORMED.
   Die geschätzten Baukosten belaufen sich bei einer NF 1-6 von 1 569 m^2
   auf 16 300 000 EUR. Die geschätzten Gesamtkosten inkl. Gerät belaufen
   sich somit auf 22 900 000 EUR. Der Baubeginn ist für Mitte 2016
   vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2018 geplant.
   Die vergebenen Planungsleistungen beziehen sich auf ein Gesamtvolumen
   von rund 9 300 000 EUR (netto) für die Kostengruppen 300 (ca. 4 500 000
   EUR) und 400 (ca. 4 800 000 EUR).
   Auf Basis der bestehenden Vorplanungen sind für die Fachdisziplin
   Gebäude (Architektenleistungen) die Leistungsphasen 3 bis 8 zu
   erbringen (Leistungsphasen der anderen Fachdisziplinen: siehe II.2.1)
   und II.2.2)), die stufenweise beauftragt werden können.
   Die besonderen Anforderungen dieses Neubaus im Bereich Forschung liegen
   in der Funktion als Laborgebäude.
   Eine Abstimmung mit den separat vergebenen Planungen zu Freianlagen,
   nutzungsspezifischen Anlagen und Tragwerk ist erforderlich.
   Auftraggeber ist das Land Hessen vertreten durch das Hessische
   Ministerium für Wissenschaft und Kunst vertreten durch die
   Justus-Liebig-Universität Gießen vertreten durch den Landesbetrieb Bau
   und Immobilien Hessen (LBIH), Niederlassung Mitte.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71220000, 71320000
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 505 326,10 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum Wettbewerb
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
   1. Konzeptentwurf. Gewichtung 30
   2. Personaleinsatzkonzept, Leistungsfähigkeit
   Projektleiter/Projektteam. Gewichtung 25
   3. Erwartete fachliche Leistung hinsichtlich Projekterfolg und Qualität
   der Planungsleistung. Gewichtung 25
   4. Darstellung der Methodik zur Sicherstellung des Projekterfolgs durch
   Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten. Gewichtung 15
   5. Honorarangebot. Gewichtung 5
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
   A.0435.120509
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 024-040295 vom 4.2.2015
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Objektplanung Gebäude UND Fachplanung
   Technische Ausrüstung
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   19.12.2015
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   hks architekten
   Gorkistraße 14
   99084 Erfurt
   DEUTSCHLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 284 922 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 505 326,10 EUR
   ohne MwSt
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Nachr. HAD-Ref.: 39/5962.
   Nachr. V-Nr/AKZ: A.0435.120509.
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   DEUTSCHLAND
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   DEUTSCHLAND
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   28.1.2016
References
   6. mailto:vof-fbg.info@lbih.hessen.de?subject=TED
   7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:040295-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betonarbeiten - DE-Kiel
Betonarbeiten
Bauarbeiten für Lagerhallen
Estricharbeiten
Stahlbetonarbeiten
Dokument Nr...: 33973-2016 (ID: 2016013009182973129)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  DE-Kiel: Betonarbeiten
   2016/S 21/2016 33973
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Seehafen Kiel GmbH & Co.KG
   Schwedenkai 1
   Kontaktstelle(n): Abteilung Technik
   Zu Händen von: Herrn J. Conrad
   24103 Kiel
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4319822175
   E-Mail: [6]jconrad@portofkiel.com
   Fax: +49 4319822177
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.portofkiel.com
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.bi-medien.de/start
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: bi medien GmbH
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4315359289
   E-Mail: [9]vu@bi-medien.de
   Internet-Adresse: [10]http://www.bi-medien.de/start
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Haupttätigkeit(en)
   Hafeneinrichtungen
   I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
   Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
   Neubau einer Lagerhalle Schuppen 10 Ostuferhafen (OUH) 
   Industriebetonsohle.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Ostuferhafen,
   24149 Kiel,
   Deutschland.
   NUTS-Code DEF02
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
   Die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG plant im Ostuferhafen die Errichtung
   einer Lagerhalle (Schuppen 10) zur Einlagerung von Forstprodukten,
   meist im Turmstau und Palettenware im Blockstau. Gegenstand dieser
   Ausschreibung ist die Herstellung der Industriebetonsohle. Die
   Flächengröße beträgt rd. 17 800 m².
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45262300, 45213220, 45262320, 45262310
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Die Industriebetonsohle ist für eine Fläche von rd. 17 800 m²
   herzustellen.
   Dazu gehören:
    Sauberkeitsschicht,
    Fugenausbildung und Fugenverdüblung,
    Aussparungen und Leitungsdurchführungen,
    Randdämmstreifen,
    Randfugen.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 7.7.2016 Abschluss 17.8.2016
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Sicherheitsleitsungen nach §17 VOB/B.
   5 v. H. der Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung,
   3 v. H. der Auftragssumme als Sicherheit für Mängelansprüche.
   Die Sicherheit für die Vertragserfüllung wird durch die Sicherheit für
   Mängelansprüche abgelöst. Näheres ergibt
   sich aus den Vergabeunterlagen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Es gelten die Zahlungsbedingungen von §16 VOB/B in der Fassung vom
   31.7.009, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26.6.2012.
   Näheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haben eine Erklärung abzugeben,
   dass sie gesamtschuldnerisch haften.
   Weiterhin ist durch die Bietergemeinschaft ein bevollmächtigter
   Vertreter zu benennen.
   Näheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
   Darlegung der besonderen Bedingungen: Verpflichtungserklärung nach dem
   Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein (TTG):
   Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften,
   soweit diese bei der Angebotsabgabe
   bekannt sind, müssen die gemäß § 4 TTG erforderliche
   Verpflichtungserklärungen mit der Einreichung des
   Angebots abgeben (§ 8 Abs. (1) TTG). Die Verpflichtungserklärung ist
   Bestandteil der Vergabeunterlagen.
   Sie werden verpflichtet,
    Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
   öffentlichen Bauauftrag handelt,
    bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Vergabe-
   und Vertragsordnung für
   Bauleistungen (VOB), Teil B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die
   Ausführung von Bauleistungen
   (VOB/B) in der Fassung vom 31.7.2009 (BAnz. Nr. 155 a vom 15.10.2009),
   zuletzt geändert durch
   Bekanntmachung vom 26.6.2012 (BAnz. AT 13.7.2012 B3), bei der
   Weitergabe von Dienstleistungen
   die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Teil B,
   Allgemeine Vertragsbedingungen für die
   Ausführung von Leistungen (VOL/B) vom 5. August 2003 zum
   Vertragsbestandteil zu machen,
    den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der
   Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungen
   aufzuerlegen, als sie zwischen dem Aufnehmer und dem öffentlichen
   Auftraggeber vereinbart werden.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
   einer Präqualifikationsstelle oder Eigenerklärungen gem. Formblatt
    Eigenerklärungen zur Eignung- nachzuweisen.
   Zugelassene Präqulifikationsstellen: PQ VOB.
   Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere
   Wahl, sind die im Formblatt:
    Eigenerklärung zur Eignung- angegebenen Bescheinigungen innerhalb von
   6 Kalendertagen nach
   Aufforderung vorzulegen.
   Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
   anderer Unternehmen, ist die jeweilige
   Nummer im
   Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
   Bescheinigungen gemäß dem Formblatt:
    Eigenerklärung zur Eignung- auch für diese anderen Unternehmen auf
   Verlangen vorzulegen.
   Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist
   eine Übersetzung in die deutsche Sprache
   beizufügen.
   Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung ist erhältlich: wird mit den
   Vergabeunterlagen ausgegeben.
   Als Eigenerklärung vorzulegen:
    Angaben zur Eintragung im Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes
   des Unternehmens,
    Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
   geregeltes Verfahren eröffnet/die
   Eröffnung beantragt/mangels Masse abgelehnt/ein Insolvenzplan
   rechtskräftig bestätigt wurde oder ob sich das
   Unternehmen in Liquidation befindet,
    Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde,
   die die Zuverlässigkeit als Bewerber
   in Frage stellt,
    Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
   sowie der Beiträge zur gesetzlichen
   Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt ist,
    Angabe, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft
   angemeldet hat.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Allgemeine Hinweise und Angaben zur
   Nachweiserbringung  siehe III.2.1).
   Als Eigenerklärung vorzulegen:
    Angaben z. Umsatz i. d. letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,
   Bauleistungen u.a. Leistungen betreffend,
   die mit
   der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss d.
   Anteils bei gemeinsam m. anderen
   Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
    Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 3
   abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu
   vergebenden Leistung vergleichbar sind,
    Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
   jahresdurchschnittlich beschäftigten
   Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem
   technischen Leitungspersonal.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
   300_40
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 4.3.2016 - 12:00
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   8.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.6)Bindefrist des Angebots
   bis: 7.4.2016
   IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 8.3.2016 - 14:00
   Ort
   Seehafen Kiel GmbH & Co.KG, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Deck 9,
   Sitzungsraum Backbord.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Bieter und deren Bevollmächtigte dürfen bei der Angebotsöffnung
   anwesend sein.
   Die Angebote werden zum Submissionsbeginn geöffnet, die Angebotssummen
   werden laut verlesen.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Vergabeunterlagen in elektronischer Form:
   Die Vergabeunterlagen werden im Internet unter
   [11]www.bi-medien.de/start zur Verfügung gestellt. Zugriff unter
   Angabe des bi-Ident-Codes: D423598733. Für bereits registrierte Nutzer
   ist der Download kostenfrei. Bei
   erstmaliger Nutzung des bi-eVergabeSystems ist eine kostenpflichtige
   Registrierung notwendig. Informationen
   dazu unter [12]www.bi-medien.de/start.
   Der Bieter hat seinem Angebot eine selbst gefertigte Kopie des
   Angebotes einschließlich eventueller
   Nebenangebote (Zweitausfertigung) beizufügen; die Zweitausfertigung ist
   dem Angebot gesondert verschlossen
   beizufügen; sie dient als Prüfungsunterlage in Zweifelsfällen.
   Wird keine Zweitausfertigung abgegeben, wird das Angebot zwingend von
   der Wertung ausgeschlossen (§3
   Abs. 4 TTG).
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wissenschaft,
   Wirtschaft und Verkehr
   Düsternbrooker Weg 94
   24105 Kiel
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [13]vergabekammer@wiwi-landsh.de
   Telefon: +49 431988-4640
   Fax: +49 431988-4702
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1)
   § 101a GWB, Informations- und Wartepflicht: Demnach darf ein Vertrag
   erst 15 Kalendertage nach
   Absendung der Information an die nicht berücksichtigten Bieter
   geschlossen werde. Wird die Information per
   Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf
   10 Tage.
   2) § 107 GWB, Einleitung, Antrag: (3) Der Antrag ist unzulässig,
   soweit:
   1. der Antragsteller den gerügten
   Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
   gegenüber dem Auftraggeber nicht
   unverzüglich gerügt hat,
   2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
   erkennbar
   sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung genannten
   Frist zur Angebotsabgabe oder zur
   Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
   3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in
   den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf
   der in der Bekanntmachung benannten
   Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber
   gerügt werden, 4. mehr als 15
   Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge
   nicht abhelfen wollen, vergangen
   sind.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Die o. g. Vergabeprüfstelle
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   27.1.2016
References
   6. mailto:jconrad@portofkiel.com?subject=TED
   7. http://www.portofkiel.com/
   8. http://www.bi-medien.de/start
   9. mailto:vu@bi-medien.de?subject=TED
  10. http://www.bi-medien.de/start
  11. http://www.bi-medien.de/start
  12. http://www.bi-medien.de/start
  13. mailto:vergabekammer@wiwi-landsh.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen - PL-Warschau
Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen
Dokument Nr...: 34073-2016 (ID: 2016013009193273228)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  PL-Warschau: Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen
   2016/S 21/2016 34073
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
   ul. Marcina Kasprzaka 25
   Kontaktstelle(n): Departament zakupów, bud. C6, pok. 29
   Zu Händen von: Katrzyna owczykowska
   01-224 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 225894191
   E-Mail: [4]przetargi@pgnig.pl, [5]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
   Fax: +48 226918921
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [6]http://www.pgnig.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   76000000
   Beschreibung
   Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   12.2.2016 - 11:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:przetargi@pgnig.pl?subject=TED
   5. mailto:katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl?subject=TED
   6. http://www.pgnig.pl/
OT: 30/01/2016    S21    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   ograniczona
   Polska-Warszawa: Usugi przemysu naftowego oraz gazowniczego
   2016/S 021-034073
   Ogoszenie o zamówieniu  zamówienia sektorowe
   Usugi
   Dyrektywa 2004/17/WE
   Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
   ul. Marcina Kasprzaka 25
   Punkt kontaktowy: Departament zakupów, bud. C6, pok. 29
   Osoba do kontaktów: Katrzyna owczykowska
   01-224 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 225894191
   E-mail: [6]przetargi@pgnig.pl, [7]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
   Faks: +48 226918921
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres podmiotu zamawiajcego: [8]http://www.pgnig.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce
   dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e)
   punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
   I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
   Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajcy:
   Likwidacja Kopanek 84, 85, 86, 87, 88 dla PGNiG SA w Warszawie Oddzia
   w Sanoku.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Polska, Region Wschodni.
   Kod NUTS PL3
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
   Przedmiotem zamówienia jest usuga polegajca na wykonaniu likwidacji
   dla potrzeb PGNiG SA Oddzia w Sanoku kopanek oznaczonych nr 84, 85,
   86, 87, 88.
   Prace musz by realizowane 3 urzdzeniami jednoczenie zgodnie z
   podziaem na grupy kopanek, który zostanie okrelony w SIWZ.
   Szczegóowy zakres odpowiedzialnoci Wykonawcy i Zamawiajcego, co do
   realizacji przedmiotu zamówienia okrelony bdzie w SIWZ, która
   zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skadania ofert.
   Szczegóowy termin realizacji poszczególnych prac zostanie okrelony w
   SIWZ. Planowane prace odbywa si bd w roku I kwarta 2016.
   Wykonywane zamówienie podlega przepisom Ustawy z 9.6.2011 Prawo
   geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 196) oraz
   Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz 21).
   Wszystkie prace zwizane z realizacj przedmiotu zamówienia musz by
   prowadzone zgodnie decyzj rodowiskow
   o ile jest wydana.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   76000000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.1.8)Informacje o czciach zamówienia
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Warto szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraon w zotych
   równowarto kwoty 418 000 EUR.
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   w dniach: 75 (od udzielenia zamówienia)
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiajcy odstpuje
   od dania wadium.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   Wynagrodzenie za wykonane prace wypacane bdzie Wykonawcy przelewem na
   podstawie faktur prawidowo wystawionych i dostarczonych Zamawiajcemu,
   w terminie 21 dni od daty dorczenia wraz z zaczonym Protokoem
   Obmiaru Robót podpisanym bez zastrzee przez obie Strony umowy.
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiaj
   penomocnika do reprezentowania ich
   w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
   w postpowaniu i zawarcia umowy
   w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z
   29.1.2004 Prawo zamówie publicznych
   (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustaw Pzp. Wykonawcy
   wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia maj obowizek doczy
   do wniosku dokument potwierdzajcy ustanowienie penomocnika
   (orygina penomocnictwa lub kopi powiadczon za zgodno z
   oryginaem przez notariusza naley zaczy do wniosku o dopuszczenie
   do udziau w postpowaniu). Penomocnictwo powinno wskazywa
   penomocnika i wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj si o
   udzielenie zamówienia publicznego.
   W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie
   ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy
   Zamawiajcy zada przedstawienia umowy regulujcej wspóprac tych
   Wykonawców.
   III.1.4)Inne szczególne warunki:
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: A. W postpowaniu moe wzi udzia Wykonawca, który:
   1. Spenia warunki okrelone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczce:
   a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
   b) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
   c) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
   zdolnymi do wykonania zamówienia;
   d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
   Zamawiajcy przewiduje moliwo wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczciem
   postpowania, w sposób zawiniony powanie naruszy obowizki zawodowe,
   w szczególnoci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziaania lub
   racego niedbalstwa nie wykona lub nienaleycie wykona zamówienie,
   co zamawiajcy bdzie w stanie wykaza za pomoc dowolnych rodków
   dowodowych. Zamawiajcy nie wykluczy z postpowania o udzielenie
   zamówienia wykonawcy, który udowodni, e podj konkretne rodki
   techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maj zapobiec zawinionemu i
   powanemu naruszaniu obowizków zawodowych w przyszoci oraz naprawi
   szkody powstae w wyniku naruszenia obowizków zawodowych lub
   zobowiza si do ich naprawienia.
   3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia, aden z Wykonawców nie moe podlega wykluczeniu. Pozostae
   warunki musz by spenione cznie przez skadajcych wniosek
   o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
   B. W celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu
   Wykonawcy musz zoy nastpujce dokumenty:
   1. Owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, zgodnie z
   art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stwierdzajce e:
   a) posiada uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
   b) posiada wiedz i dowiadczenie;
   c) dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;
   d) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej
   wykonanie zamówienia. (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w
   oparciu o wzór udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
   [9]www.przetargi.pgnig.pl  zacznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do
   udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
   Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia naley zoy wspólne owiadczenie podpisane przez
   wszystkich wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia lub przez
   penomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, albo
   odrbne owiadczenia skada kady
   z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   Niniejszy dokument naley zoy w oryginale.
   2. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (Wskazane
   jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony na stronie
   internetowej Zamawiajcego: [10]www.przetargi.pgnig.pl  zacznik nr 2
   do wniosku o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  owiadczenie skada kady z Wykonawców wystpujcych
   wspólnie. aden z Wykonawców nie moe podlega wykluczeniu na podstawie
   art. 24 Ustawy.
   3. Aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
   wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
   Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
   zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
   wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
   potwierdzajce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono
   upadoci. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
   którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
   zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
   do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
   siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
   dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
   UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   4. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
   Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
   zamiast ww. dokumentu skada zawiadczenie waciwego organu sdowego
   lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania
   osoby, której dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1
   pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
   kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie
   wydaje si dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je
   dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby
   uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem
   sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub
   gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w
   którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed
   notariuszem. Postanowienie dotyczce terminu aktualnoci dokumentu
   stosuje si.
   Jeeli, w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
   5-8 ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego
   miejsca zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   5. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
   ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie
   do udziau w postpowaniu.
   Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
   zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
   wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
   potwierdzajce, e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o
   zamówienie. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
   którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
   zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
   do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
   siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
   dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   6. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz
   waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego
   Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce odpowiednio, e Wykonawca nie
   zalega z opacaniem podatków oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne
   lub spoeczne, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem
   zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub
   wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu, wystawione
   nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
   Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
   zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
   wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
   potwierdzajce, e nie zalega z uiszczeniem podatków, opat, skadek na
   ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo, e uzyska przewidziane
   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych
   patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego
   organu. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
   Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
   dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
   zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
   do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
   administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
   odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
   siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
   dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   7. List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej w
   rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
   (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informacj, e Wykonawca nie naley
   do grupy kapitaowej (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu
   o wzór udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
   [11]www.przetargi.pgnig.pl  zacznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie
   do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   C. Dodatkowe dokumenty dane przez Zamawiajcego w zwizku z art. 138c
   ust.1 pkt 1) ustawy Pzp:
   1. Owiadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji
   przekazywanych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia.
   (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony
   na stronie internetowej Zamawiajcego: [12]www.przetargi.pgnig.pl 
   zacznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o
   udzielenie zamówienia).
   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia  dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Nie dotyczy.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: I. O udzielenie zamówienia moe ubiega si Wykonawca, który:
   1. posiada wiedz i dowiadczenie, tj.:
   a) wykona, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych równie
   wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania
   wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres
   prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie: co najmniej 5
   usug w zakresie likwidacji kopanek wykonanych dla celów eksploatacji
   wglowodorów, obejmujce  kada  wykonanie korków cementowych,
   wypenienie puczk bentonitow lub zaczynem uszczelniajcym.
   2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadajcymi
   uprawnienia wynikajce z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
   2015 r., poz.196
    osoba dozoru wyszego co najmniej 1 osoba na zmianie.
    wiertacz zmianowy co najmniej 1 osoba na zmianie.
    koordynator ds. HSE Wykonawcy na lokalizacji co najmniej jedna osoba.
   Ww. przepisów nie stosuje si do obywateli pastw czonkowskich Unii
   Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastw czonkowskich
   Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o
   Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych pastwach, poza
   granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania
   zawodów regulowanych, uznane w trybie okrelonym ustaw z 18.3.2008 o
   zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach
   czonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394),
   odpowiadajce kwalifikacjom okrelonym w ww. przepisach.
   Jzykiem obowizujcym przy realizacji zamówienia bdzie jzyk polski.
   3. Dysponuje i bdzie dysponowa w caym okresie wykonywania prac
   sprztem umoliwiajcym pen realizacj prac na kilku lokalizacjach w
   tym w szczególnoci agregat cementacyjny, posiadajcy wan
   dokumentacj eksploatacyjn, zgodn z rozporzdzeniem Ministra
   Gospodarki z 25.4.2014 w sprawie szczegóowych wymaga dotyczcych
   prowadzenia ruchu zakadów górniczych wydobywajcych kopaliny otworami
   wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812), który gwarantuje pene oraz
   terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
   4. Stosuje odpowiednie procedury dotyczce bezpiecznego wykonywania
   prac bdcych przedmiotem zamówienia, waciwe dla specyfiki brany,
   tzn.: posiada wdroony i funkcjonujcy system zarzdzania rodowiskiem,
   bezpieczestwem i higien pracy lub system bezpieczestwa ISO/SCC/HSE,
   lub równowane standardy
   i praktyki w zakresie dotyczcym tego zamówienia oraz bezpiecznie
   wykonuje prace zgodnie z obowizujcymi wymaganiami prawnymi.
   5. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie niniejszego
   zamówienia musz wykaza, e cznie speniaj warunki okrelone w pkt
   1., 2., 3.,4 powyej, tzn. powysze wymagania bd uznane za spenione,
   gdy spenia je bdzie jeden albo kilku, albo cznie wszyscy Wykonawcy
   wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego.
   6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moe polega na
   wiedzy i dowiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz
   potencjale technicznym (tj. urzdzeniach) innych podmiotów niezalenie
   od charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w
   takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu w sposób
   jednoznaczny, i bdzie bezwarunkowo dysponowa zasobami niezbdnymi do
   realizacji zamówienia, przedstawiajc w tym celu dokumenty okrelone w
   pkt II.7. poniej.
   Jeeli Wykonawca w celu wykazania spenienia warunku wiedzy i
   dowiadczenia polega na zasobach podmiotu trzeciego Zamawiajcy wymaga,
   by ten podmiot trzeci uczestniczy w realizacji zamówienia jako
   podwykonawca, odpowiednio do zakresu udostpnianych zasobów.
   Zamawiajcy nie dopuszcza, by uczestnictwo w realizacji zamówienia
   podmiotu trzeciego polegao wycznie na doradztwie i nadzorze,
   udostpnieniu know-how, szkoleniach, itp.
   II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spenienia powyszych warunków:
   1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w cigu ostatnich 3 lat przed
   upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w
   tym okresie, usug wraz z podaniem nazwy lub nr wykonanej likwidacji,
   celu eksploatacyjnego, rodzaju wypenienia oraz zakresu wykonanych prac
   likwidacyjnych.
   Dowodami potwierdzajcymi naleyte wykonanie usug mog by:
   a. powiadczenie (np. referencje), z tym e w odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni
   na 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków
   o dopuszczenie do udziau w postpowaniu;
   b. owiadczenie Wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w lit. a. powyej.
   W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
   wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyej zostay wczeniej
   wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkadania ww. dowodów.
   Uwaga: z dokumentu musi wynika jednoznacznie, e warunek stawiany w
   ogoszeniu zosta speniony przez Wykonawc ubiegajcego si o
   udzielenie zamówienia. W przypadku prac wykonywanych na rzecz PGNiG SA.
   Wykonawca nie musi przedstawia potwierdzenia, e usugi te zostay
   wykonane naleycie.
   Wykaz o którym mowa powyej wraz z owiadczeniem  Wykonawca
   przygotowuje we wasnym zakresie.
   2. Wykaz osób okrelonych w pkt. I.2. powyej, które bd uczestniczy
   w wykonywaniu zamówienia, wraz
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr
   uprawnie), dowiadczenia
   i wyksztacenia, niezbdnych do wykonania zamówienia, ze wskazaniem
   podstawy do dysponowania tymi osobami.
   Uwaga: z dokumentu musi wynika jednoznacznie, e warunek stawiany w
   ogoszeniu zosta speniony przez Wykonawc ubiegajcego si o
   udzielenie zamówienia.
   Wykaz o którym mowa powyej wraz z owiadczeniem  Wykonawca
   przygotowuje we wasnym zakresie.
   3. Wykaz sprawnego sprztu okrelonego w pkt. I.3 powyej, min. 3
   urzdzeniami jednoczenie, który Wykonawca przeznaczy do realizacji
   zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami w
   tym szczególnoci 2 agregatów cementacyjnych.
   4. Owiadczenie, e odpowiednio oferowany sprzt posiada i bdzie
   posiada w caym okresie wykonywania prac wan dokumentacj
   eksploatacyjn wydan zgodnie z obowizujcym prawem.
   5. Owiadczenie, e w przypadku realizacji prac bdzie dziaa nie
   naruszajc zapisów wydanych decyzji
   i pozwole, przepisów prawa oraz wymaga Zamawiajcego
   6. Kopie certyfikatów wydanych przez niezalene podmioty, które
   potwierdzaj zgodno funkcjonujcych u Wykonawcy systemów zarzdzania
   z normami jakociowymi, zarzdzaniem rodowiskiem i zarzdzaniem
   bezpieczestwem i higien pracy lub owiadczenie potwierdzajce
   posiadanie systemu bezpieczestwa HSE (dokumentacj systemu
   bezpieczestwa HSE Wykonawca udostpni Zamawiajcemu do weryfikacji na
   danie).
   7. Jeeli Wykonawca polega bdzie na wiedzy i dowiadczeniu, osobach
   zdolnych do wykonania zamówienia lub potencjale technicznym (m.in.
   urzdzeniach) innych podmiotów (udostpnienie zasobów), Zamawiajcy
   wymaga zoenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu:
   a) pisemnego zobowizania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
   zawierajcego informacje dotyczce w szczególnoci rodzaju
   udostpnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz zakresu i okresu
   udziau innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dokument naley
   zoy w oryginale); Zobowizanie to powinno potwierdza przyjcie
   przez udostpniajcego solidarnej odpowiedzialnoci z wykonawc za
   szkod zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów,
   chyba e za nieudostpnienie zasobów udostpniajcy nie ponosi winy.
   Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia ww. zasobów, odpowiada
   solidarnie z wykonawc za szkod zamawiajcego powsta wskutek
   nieudostpnienia tych zasobów, chyba e za nieudostpnienie zasobów nie
   ponosi winy.
   b) dokumentu lub dokumentów, z których wynika, e osoba lub osoby,
   które podpisay pisemne zobowizanie, o którym mowa w ppkt a powyej s
   upowanione do reprezentacji podmiotu trzeciego (dokumenty rejestrowe
   podmiotu trzeciego potwierdzajce osoby reprezentujce i zasad
   reprezentacji (kopie powiadczone za zgodno z oryginaem),
   penomocnictwa (jeeli dotyczy) (orygina lub kopie potwierdzone za
   zgodno z oryginaem przez notariusza).
   Uwaga: w celu oceny, czy Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
   podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
   oceny, czy stosunek czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
   rzeczywisty dostp do ich zasobów, Zamawiajcy da, by z pisemnego
   zobowizania lub innych dokumentów skadanych wraz z wnioskiem o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu wynika:
   a) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc, przy
   wykonywaniu zamówienia,
   c) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym podmiotem,
   d) zakres i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
   8. Zamawiajcy dokona oceny speniania warunków udziau w postpowaniu
   w oparciu o regu spenia/nie spenia.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Ograniczony
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena brutto. Waga 90
   2. Czas realizacji. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
   ZP/PGNG/16/0037/OS/TWR
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
   wyjtkiem dynamicznego systemu zakupów)
   Dokumenty odpatne: nie
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   12.2.2016 - 11:00
   IV.3.5)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe:
   Zasady kwalifikacji do dalszego etapu postpowania (zaproszenia do
   skadania ofert)
   1. Zamawiajcy po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziau w
   przedmiotowym postpowaniu zaprosi do skadania ofert 20 Wykonawców
   speniajcych warunki okrelone przez Zamawiajcego. Zamawiajcy dokona
   oceny speniania warunków w oparciu o regu spenia / nie spenia.
   2. Jeeli liczba Wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w
   postpowaniu bdzie wiksza ni 20, Zamawiajcy przyzna dodatkowe
   punkty zgodnie z opisan niej regu:
   za kad dodatkow (ponad wymagan ilo) usug zrealizowan na
   zasadach opisanych w Sekcji III 2.3) pkt I.1. ogoszenia , których
   prawidowe wykonanie zostao potwierdzone przez Wykonawc w sposób
   okrelony
   w Sekcji III.2.3) pkt II.1. ogoszenia, przyznany zostanie jeden punkt.
   Pierwszych 20 Wykonawców uszeregowanych w kolejnoci od najwikszej do
   najmniejszej liczby punktów zostanie zaproszonych do skadania ofert. W
   przypadku, kiedy kilku Wykonawców otrzyma tak sam ilo punktów, o
   kwalifikacji Wykonawcy bdzie decydowaa najwiksza ilo wykonanych
   prac obejmujcych swoim zakresem likwidacje z uyciem ciecz solidur.
   2. Wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu wraz z zacznikami
   powinien by podpisany przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i
   Wykonawcy, upowanionego/ych do podejmowania zobowiza w jego imieniu,
   zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniajcym
   do wystpowania w obrocie prawnym lub udzielonym penomocnictwem.
   Penomocnictwo w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z
   oryginaem przez notariusza winno by doczone do wniosku, o ile
   umocowanie nie wynika z innych dokumentów zaczonych przez Wykonawc.
   3. Wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziau w przedmiotowym
   postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego
   zacznikiem bd owiadczenia, informacje i wymagane dokumenty,
   powinien by zoony w formie pisemnej, a zaczniki uoone w
   kolejnoci jak w sekcji III.2.1.  III.2.3. ogoszenia zaleca si, aby
   wniosek wraz z zacznikami poczony by w jedn cao, a strony
   zostay kolejno ponumerowane.
   4. Zaleca si przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu (Wskazane jest sporzdzenie wniosku w oparciu o wzór
   udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
   [13]www.przetargi.pgnig.pl  Wzór wniosku
   o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, zacznik nr 7) wraz z
   zacznikami zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie Zamawiajcego
   [14]www.przetargi.pgnig.pl.
   5. Wykonawca moe wraz z wnioskiem zoy ich kopi w wersji
   elektronicznej  nieedytowaln na noniku danych, przy czym w przypadku
   rozbienoci pomidzy oryginaem, a kopi elektroniczn za wic
   przyjmuje si tre oryginau.
   6. Wszystkie dokumenty maj by zoone w formie oryginau lub kopii
   powiadczonej za zgodno z oryginaem przez Wykonawc (w przypadku
   dokumentów, które musz by zoone w oryginale informacja ta wynika
   wprost z treci niniejszego ogoszenia o zamówieniu). W przypadku
   dokumentów dotyczcych poszczególnych Wykonawców wystpujcych wspólnie
   oraz dokumentów dotyczcych podmiotów trzecich udostpniajcych
   Wykonawcy zasoby ich kopie mog by potwierdzone za zgodno z
   oryginaem przez naleycie umocowanych przedstawicieli tych podmiotów,
   albo przez przedstawicieli Wykonawcy / Wykonawców wystpujcych
   wspólnie (Zamawiajcy uznaje za waciwe obie ww. formy).
   7. Zamawiajcy nie wyraa zgody na skadanie wniosków o dopuszczenie do
   udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia, owiadcze, informacji
   oraz innych dokumentów w jzyku innym ni jzyk polski. W przypadku
   zaczonych do wniosku dokumentów sporzdzonych w jzyku obcym,
   Wykonawca zobowizany jest zoy niniejsze dokumenty wraz z
   tumaczeniem na jzyk polski. Podpis pod dokumentami powinien
   umoliwia zidentyfikowanie osoby podpisujcej.
   8. Opakowanie z wnioskiem powinno by zabezpieczone przed przypadkowym
   otwarciem. Na opakowaniu naley umieci adres Zamawiajcego zgodnie z
   Sekcj I.1) ogoszenia i adres Wykonawcy, pod który naley zwróci
   wniosek w przypadku jego wpynicia do Zamawiajcego po terminie
   skadania wniosków oraz adnotacj: Wniosek o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu publicznym pn. Likwidacja Kopanek 84, 85, 86, 87, 88 dla
   PGNiG SA w Warszawie Oddzia w Sanoku, znak sprawy:
   ZP/PGNG/16/0037/OS/TWR.
   9. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp korespondencja pomidzy
   Zamawiajcym i Wykonawcami bdzie przekazywana faksem na numer: +48
   226918921 lub drog elektroniczn na adres:
   [15]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl Kada ze Stron na danie drugiej
   Strony niezwocznie potwierdza fakt otrzymania przekazanych faksem lub
   drog elektroniczn owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji i
   dokumentów. Forma pisemna, z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w
   ustawie Pzp jest zawsze dopuszczalna.
   10. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowice tajemnic
   przedsibiorstwa. Dla skutecznoci dokonanego zastrzeenia naley
   informacje takie zawrze odrbnie od informacji jawnych tak, aby
   Zamawiajcy od dnia poinformowania Wykonawców o wynikach oceny
   spenienia warunków udziau w postpowaniu móg udostpnia do wgldu
   cz wniosku, która jest jawna, bez ujawniania treci stanowicych
   tajemnic przedsibiorstwa. Wskazane jest zatem umieszczenie takich
   informacji w odrbnej kopercie, za owiadczenie Wykonawcy
   (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony
   na stronie internetowej Zamawiajcego: [16]www.przetargi.pgnig.pl 
   Zacznik nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o
   udzielenie zamówienia) powinno znale si w czci jawnej wniosku. Nie
   zaczenie przez Wykonawc owiadczenia zostanie uznane jako brak woli
   utajnienia jakichkolwiek danych skadajcych si na wniosek o
   dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu. Zamawiajcy wymaga aby wykonawca zastrzegajcy cz
   wniosku o dopuszczenie do udziau
   w postpowaniu jako tajemnic przedsibiorstwa wykaza nie póniej ni
   w terminie skadania wniosków, i zastrzeone informacje stanowi
   tajemnic przedsibiorstwa.
   11. Zamawiajcy uzna informacje zastrzeone przez Wykonawc za
   tajemnic przedsibiorstwa zgodnie z kryteriami okrelonym w art. 11
   ust. 4 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
   jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pón. zm.), o ile
   Wykonawca nie póniej ni w terminie skadania wniosków, wykae e:
   zastrzeone informacje stanowi informacje techniczne, technologiczne,
   organizacyjne przedsibiorstwa lub inne nieujawnione do wiadomoci
   publicznej;
   zastrzeone informacje posiadaj warto gospodarcz;
   opisze jakie podj dziaania niezbdne do zachowania poufnoci
   zastrzeonych informacji.
   12. Zamawiajcy w przedmiotowym postpowaniu nie zastosowa dialogu
   technicznego.
   Zamawiajcy informuje, e bdzie wymaga, aby Wykonawca, z którym
   zostanie podpisana umowa posiada przez cay czas realizacji prac
   aktualn polis ubezpieczeniow od odpowiedzialnoci cywilnej w
   zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na sum ubezpieczenia
   nie mniejsz ni warto zawartej umowy.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [17]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [18]www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
   wobec treci ogoszenia o zamówieniu wnosi si w terminie 10 dni od
   dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, do
   Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
   opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomoc
   wanego, kwalifikowanego certyfikatu.
   Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
   do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
   treci przed upywem tego terminu.
   Pozostae regulacje dotyczce rodków ochrony prawnej zawiera dzia VI
   ustawy Pzp.
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [19]uzp@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [20]www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installateurarbeiten - NO-Bodø
Installateurarbeiten
Neuverlegung von Rohrleitungen
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Verrohrung von Bohrlöchern
Dokument Nr...: 34173-2016 (ID: 2016013009204173333)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
  NO-Bodø: Installateurarbeiten
   2016/S 21/2016 34173
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bodø kommune [Bodø municipality]
   972418013
   Kongens gate 23, Postboks 319
   Zu Händen von: Joachim Hjartøy
   8001 Bodø
   NORWEGEN
   Telefon: +46 75593609
   E-Mail: [4]joachim.hjartoy@bodo.kommune.no
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
   GHT
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
   GHT
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45330000, 45231113, 45332000, 76480000
   Beschreibung
   Installateurarbeiten.
   Neuverlegung von Rohrleitungen.
   Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen.
   Verrohrung von Bohrlöchern.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   9.3.2016 - 14:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Sonstige: Norwegian.
References
   4. mailto:joachim.hjartoy@bodo.kommune.no?subject=TED
   5. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
   6. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLIGHT
   7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLIGHT
OT: 30/01/2016    S21    - - Services - Contract notice - Open procedure
   Norway-Bodø: Plumbing and sanitary works
   2016/S 021-034173
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Bodø kommune [Bodø municipality]
   972418013
   Kongens gate 23, Postboks 319
   For the attention of: Joachim Hjartøy
   8001 Bodø
   NORWAY
   Telephone: +46 75593609
   E-mail: [6]joachim.hjartoy@bodo.kommune.no
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile:
   [7]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
   Electronic access to information:
   [8]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
   GHT
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
   GHT
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Plumbing services including material.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 1: Maintenance and repair services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Postboks 319.
   NUTS code NO071
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves the establishment of a framework agreement
   II.1.4)Information on framework agreement
   Framework agreement with a single operator
   Duration of the framework agreement
   Duration in years: 4
   Estimated total value of purchases for the entire duration of the
   framework agreement
   Estimated value excluding VAT: 19 200 000 NOK
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Samordnet Innkjøp I Salten (SIIS) including Sortland and Værøy
   municipalities invites tenderers to an open tender contest above the
   EEA threshold for a 2 year framework agreement for plumbing services
   including material, with a unilateral option for 1 + 1 year. Major
   projects, for example, construction projects such as new buildings,
   major alterations/renovations for more than 500 000 NOK can be
   announced as separate open tender contests.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   45330000, 45231113, 45332000, 76480000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   2 year framework agreement for plumbing services including material
   with a unilateral option for 1 + 1 year.
   Major projects, for example, construction projects such as new
   buildings, major alterations/renovations for more than 500 000 NOK can
   be announced as separate open tender contests.
   Estimated value excluding VAT: 19 200 000 NOK
   II.2.2)Information about options
   Options: yes
   Description of these options: 2 year framework agreement with a
   unilateral option for 1 + 1 years.
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   See the tender documentation.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   See the tender documentation.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: See the tender documentation.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: See the tender documentation.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   See the tender documentation.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: no
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated below
   1. Hourly rate. Weighting 50
   2. Price plumbing material. Weighting 25
   3. Response time. Weighting 25
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   2016/632
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   9.3.2016 - 14:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   Other: Norwegian.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 9.3.2016 - 14:30
   Place:
   Dronningens gate 36For the attention of: Joachim Hjartøy
   8001 Bodø
   NORWAY
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   29.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Spezialbauarbeiten - SE-Söderhamn
Diverse Spezialbauarbeiten
Dokument Nr...: 3473-2016 (ID: 2016010709013740891)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  SE-Söderhamn: Diverse Spezialbauarbeiten
   2016/S 4/2016 3473
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Inköp Gävleborg
   Vänligen se vår hemsida
   Zu Händen von: Fredrik Andersson
   SE-826 80 Söderhamn
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 104713020
   E-Mail: [4]fredrik.andersson@inkopgavleborg.se
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.inkopgavleborg.se
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
   px?ProcurementId=4320
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Helsinge Vatten
   Bornvägen 2 B
   Zu Händen von: Ylva Lindberg
   SE-822 30 Alfta
   SCHWEDEN
   E-Mail: [7]ylva.j.lindberg@helsingevatten.se
   Internet-Adresse:
   [8]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
   px?ProcurementId=4320
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45262600
   Beschreibung
   Diverse Spezialbauarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 16.2.2016
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   25.2.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:fredrik.andersson@inkopgavleborg.se?subject=TED
   5. http://www.inkopgavleborg.se/
   6. https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4320
   7. mailto:ylva.j.lindberg@helsingevatten.se?subject=TED
   8. https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4320
OT: 07/01/2016    S4    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling -
   Öppet förfarande
   Sverige-Söderhamn: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
   2016/S 004-003473
   Meddelande om upphandling
   Byggentreprenader
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Inköp Gävleborg
   Vänligen se vår hemsida
   Att: Fredrik Andersson
   SE-826 80 Söderhamn
   SVERIGE
   Telefon: +46 104713020
   E-post: [6]fredrik.andersson@inkopgavleborg.se
   Internetadress(er):
   Upphandlande myndighet: [7]http://www.inkopgavleborg.se
   Upphandlarprofil:
   [8]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
   px?ProcurementId=4320
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Helsinge Vatten
   Bornvägen 2 B
   Att: Ylva Lindberg
   SE-822 30 Alfta
   SVERIGE
   E-post: [9]ylva.j.lindberg@helsingevatten.se
   Internetadress:
   [10]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.a
   spx?ProcurementId=4320
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
   kontaktpunkt(er)
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Annan: Inköp Gävleborg
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: nej
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Ombyggnation Häggesta reningsverk, Etapp 2.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Byggentreprenader
   Utförande
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Bollnäs.
   NUTS-kod SE313
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Helsinge Vatten planerar en ombyggnad av Häggesta reningsverk i Bollnäs
   i 2 etapper. Detta är etapp 2.
   Samtliga handlingar, inklusive anbudsformulär samt utvärderingsmall,
   finns att hämta på USB-sticka hos Helsinge Vatten, Bornvägen 2 B, Alfta
   alternativt kontakta Helsinge Vatten via telefon 0271-57450 så skickar
   de en USB-sticka till er.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   45262600
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   Alternativa anbud accepteras: nej
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   Option: nej
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
   personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
   kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
   eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   5986
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   nej
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till
   handlingar: 16.2.2016
   Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   25.2.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 2.8.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
   Kompletterande information om bemyndigade personer och
   öppningsförfarande: Enligt önskemål från anbudslämnare.
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   Detta är en återkommande upphandling: nej
   VI.2)Information om EU-medel
   Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
   EU-medel: nej
   VI.3)Kompletterande information
   Visma Commerce-annons: [11]http://www.opic.com/notice.asp?req=divdprrw
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schwimmbagger- und Pumparbeiten - FR-Deauville
Schwimmbagger- und Pumparbeiten
Dokument Nr...: 3573-2016 (ID: 2016010709022340991)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  FR-Deauville: Schwimmbagger- und Pumparbeiten
   2016/S 4/2016 3573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Deauville
   20 rue Robert Fossorier, BP 31600
   Zu Händen von: M. le maire
   14800 Deauville
   FRANKREICH
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45252124
   Beschreibung
   Schwimmbagger- und Pumparbeiten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   EMCC
   76700
   Rogerville
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 854 780 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
OT: 07/01/2016    S4    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Deauville: Travaux de dragage et de pompage
   2016/S 004-003573
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Deauville
   20 rue Robert Fossorier, BP 31600
   À l'attention de: M. le maire
   14800 Deauville
   FRANCE
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45252124
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestations. Pondération 70
   2. Valeur technique. Pondération 30
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 122-221871 du 27.6.2015
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville
   V.1)Date d'attribution du marché:
   22.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   EMCC
   76700
   Rogerville
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 854 780 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-95760, mise en ligne le 23.6.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gelenklastwagen - SE-Storfors
Gelenklastwagen
Kraftfahrzeuge
Pritschen- und Kipplastwagen
Schwerlastfahrzeuge
Dokument Nr...: 3673-2016 (ID: 2016010709031441093)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  SE-Storfors: Gelenklastwagen
   2016/S 4/2016 3673
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Storfors kommun
   Box 1001
   Zu Händen von: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]riitta.suomela@storfors.se
   Weitere Auskünfte erteilen: Storfors kommun
   Box 1001
   Zu Händen von: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SCHWEDEN
   E-Mail: [5]riitta.suomela@storfors.se
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Storfors kommun
   Box 1001
   Zu Händen von: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SCHWEDEN
   E-Mail: [6]riitta.suomela@storfors.se
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Storfors kommun
   Box 1001
   Zu Händen von: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SCHWEDEN
   E-Mail: [7]riitta.suomela@storfors.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34133000, 34100000, 34134000, 34140000
   Beschreibung
   Gelenklastwagen.
   Kraftfahrzeuge.
   Pritschen- und Kipplastwagen.
   Schwerlastfahrzeuge.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   31.1.2016
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
   5. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
   6. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
   7. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
OT: 07/01/2016    S4    - - Varor - Meddelande om upphandling - Förhandlat
   förfarande
   Sverige-Storfors: Ledade lastbilar
   2016/S 004-003673
   Meddelande om upphandling
   Varor
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Storfors kommun
   Box 1001
   Att: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SVERIGE
   E-post: [6]riitta.suomela@storfors.se
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Storfors kommun
   Box 1001
   Att: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SVERIGE
   E-post: [7]riitta.suomela@storfors.se
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Storfors kommun
   Box 1001
   Att: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SVERIGE
   E-post: [8]riitta.suomela@storfors.se
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Storfors kommun
   Box 1001
   Att: Riitta Suomela
   SE-688 29 Storfors
   SVERIGE
   E-post: [9]riitta.suomela@storfors.se
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Miljö
   Ekonomi och finans
   Hälso- och sjukvård
   Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
   Social trygghet
   Fritidsverksamhet, kultur och religion
   Utbildning
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Fabriksny lastbil.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Varor
   En kombination av ovanstående
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Storfors.
   NUTS-kod SE311
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Köp/leasing av fabriksny lastbil.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   34133000, 34100000, 34134000, 34140000
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   II.2.2)Information om optioner
   II.2.3)Information om förlängning
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Förhandlat
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   16/1
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   31.1.2016
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   VI.2)Information om EU-medel
   VI.3)Kompletterande information
   Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=diqxtlcl
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen - PL-Olsztyn
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
Dokument Nr...: 373-2016 (ID: 2016010209290237665)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  PL-Olsztyn: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
   2016/S 1/2016 373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie
   ul. Tuwima 10
   Kontaktstelle(n): Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci Polskiej
   Akademii Nauk w Olsztynie, 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 5
   Zu Händen von: Beata Abramska
   10-748 Olsztyn
   POLEN
   Telefon: +48 895393169
   E-Mail: [4]b.abramskal@pan.olsztyn.pl
   Fax: +48 895393147
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.pan.olsztyn.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   38500000
   Beschreibung
   Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 20 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Tomasz Kamiski prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm TK Biotech
   ul. Królewicza Jakuba 40
   02-956 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 16 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 20 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:b.abramskal@pan.olsztyn.pl?subject=TED
   5. http://www.pan.olsztyn.pl/
OT: 02/01/2016    S1    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Olsztyn: Aparatura kontrolna i badawcza
   2016/S 001-000373
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie
   ul. Tuwima 10
   Punkt kontaktowy: Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci Polskiej
   Akademii Nauk w Olsztynie, 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 5
   Osoba do kontaktów: Beata Abramska
   10-748 Olsztyn
   POLSKA
   Tel.: +48 895393169
   E-mail: [6]b.abramskal@pan.olsztyn.pl
   Faks: +48 895393147
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.pan.olsztyn.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: pastwowa jednostka naukowa
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: badania naukowe
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawa specjalistycznego sprztu i aparatury do prowadzenia bada i
   grantów wewntrznych VIII.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada
   ywnoci Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748
   Olsztyn.
   Kod NUTS PL622
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   1. Jest to zamówienia udzielane w czciach, którego czna warto wg
   planu na przekracza 134000,00 euro
   2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako sprzeda wraz z
   dostaw) specjalistycznej aparatury do prowadzenia bada i grantów
   wewntrznych, do siedziby Zamawiajcego, tj. Instytutu Rozrodu Zwierzt
   i Bada ywnoci w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, do pomieszcze
   wskazanych przez Zamawiajcego, transportem Wykonawcy i na koszt
   Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie zosta podzielony na Czci.
   3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki
   techniczno  eksploatacyjne) zawiera zacznik nr 1 do SIWZ.
   4. Wykonawca, moe zaoferowa aparatur o parametrach wyszych lub
   rozwizaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla
   rodowiska. Udowodnienie rozwizania równowanego lub lepszego ley po
   stronie Wykonawcy i musi mie odzwierciedlenie w zaczonych do oferty
   materiaach producenta.
   Wymagania dotyczce przedmiotu zamówienia:
   1. Wykonawca bdzie zobowizany do dostawy aparatury bezporednio do
   pomieszcze w siedzibie Zamawiajcego, wskazanych w umowie.
   2. Wykonawca, w ramach zawartej umowy, bdzie zobowizany do dostawy i
   montau aparatury oraz przeszkolenia pracowników Zamawiajcego w
   zakresie obsugi i konserwacji oferowanej aparatury. Szkolenie odbdzie
   si w dniu dostawy lub innym terminie uzgodnionym pomidzy Zamawiajcym
   a Wykonawc.
   3. Aparatura powinny by produktem wysokiej jakoci, musi by
   fabrycznie nowa, wolna od wad materiaowych i prawnych.
   4. Aparatura musi by oznakowana w taki sposób, aby moliwa bya
   identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
   5. Oferowana aparatura musi pochodzi z oficjalnego kanau dystrybucji
   zgodnie z wymaganiami producentów.
   6. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamówienia z
   naleyt starannoci, zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami
   prawa, zasadami wspóczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
   dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
   7. Wraz z aparatur Wykonawca dostarczy instrukcj obsugi w jzyku
   polskim i jzyku angielskim.
   8. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiajcego, aparatura powinna by
   gotowa do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich
   skadowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w
   zaczniku nr 1  specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla
   zapewnienia prawidowej pracy aparatury konieczne byo instalowanie
   dodatkowych elementów (urzdze), oprogramowania, w póniejszym czasie,
   szczególnie za dodatkow opat.
   9. Gwarancja  min. 12 miesicy od daty dostawy.
   10. Serwis gwarancyjny powinien by prowadzony przez serwis Wykonawcy
   autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada
   autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanej aparatury, Zamawiajcy
   dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzysta z pomocy
   producenta oferowanej aparatury lub jego przedstawiciela, prowadzcego
   serwis techniczny w wymaganym zakresie. Kada autoryzacja dla serwisu
   Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego
   przedstawiciela musi mie form owiadczenia producenta lub jego
   przedstawiciela.
   11. W okresie obowizywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpatny
   serwis aparatury.
   12. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu aparatury obowizywa
   bd warunki gwarancji i serwisu, wynikajce ze zoonej oferty.
   13. Transport aparatury do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i
   z powrotem w okresie gwarancji odbywa si bdzie na koszt i ryzyko
   Wykonawcy.
   14. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odstpienia od umowy ze wzgldu
   na wad fizyczn lub prawn dostarczonej aparatury.
   15. Dostarczona aparatura musi by dostosowana do uytkowania z
   wykorzystaniem napicia sieciowego w Polsce (230 V/50 Hz).
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   38500000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 20 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 70
   2. Termin realizacji zamówienia. Waga 30
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   ZP-PNU/D/2015/10/164
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 199-360875 z dnia 14.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Tomasz Kamiski prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm TK Biotech
   ul. Królewicza Jakuba 40
   02-956 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 16 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 20 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   Na ofert skadaj si:
   a) formularze: specyfikacji  zacznik nr 1, oferty  zacznik nr 2,
   b) dokumenty wymienione w rozdziale III.2 dot. warunków udziau,
   c) wypenione zaczniki nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ
   d) prospekt lub foldery lub instrukcja obsugi producenta(w j. polskim,
   dokumenty w jzykach obcych musz by przetumaczone na j. polski)
   potwierdzajce, e oferowany aparat odpowiada wymaganiom okrelonym
   przez Zamawiajcego. Dostarczone materiay musz potwierdza parametry
   okrelone w specyfikacji  zacznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty naley
   oznaczy w taki sposób aby jasno wynikao jakiego parametru dotycz i
   potwierdzaj.
   e) penomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub kopii
   potwierdzonej notarialnie, o ile ofert skada penomocnik.
   Informacje dotyczce umowy:
   1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawc, stanowi
   zacznik nr 7 do SIWZ.
   2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiajcy dopuszcza moliwo
   dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treci oferty
   na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
   3. Zamawiajcy, przewiduje równie nastpujce moliwoci dokonania
   istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na
   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystpienia co
   najmniej jednej z okolicznoci wymienionych poniej, z uwzgldnieniem
   podawanych warunków ich wprowadzenia:
   1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
    ze wzgldu na wystpienie okolicznoci niedajcych si przewidzie
   przed zawarciem umowy, np. dziaanie siy wyszej, uniemoliwiajcej
   dostaw w okrelonym pierwotnie terminie;
   Wyej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie
   powodujcym zwikszenia Wynagrodzenia okrelonego w niniejszej umowie
   oraz tylko o czas dziaania siy wyszej oraz potrzebny do usunicia
   skutków tego dziaania.
    realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z
   urzdów administracji pastwowej (np. urzdu celnego), a z przyczyn
   niezalenych od Stron niemoliwe byo uzyskanie tych dokumentów w
   terminach przewidzianych w przepisach prawa.
   Wyej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu
   przez Wykonawc stosowanego dokumentu z urzdu. W takim przypadku
   strony ustal nowy termin realizacji zamówienia.
   2) dla zmiany sposobu spenienia wiadczenia:
   a) zmiany technologiczne, w szczególnoci:
    niedostpno na rynku sprztu wskazanego w dokumentacji przetargowej
   spowodowan zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku sprztu.
   Zaoferowany sprzt nie moe mie parametrów gorszych ni okrelone w
   specyfikacji  zacznik nr 1. Wykonawca zobowizany jest dostarczy:
   owiadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji sprztu
   zaoferowanego; wypenion specyfikacj na nowy sprzt (zacznik nr 1)
   wraz z materiaami producenta powiadczajcymi spenienie wymaganych
   parametrów.;
    pojawieniem si na rynku urzdzenia nowszej generacji (bd w nowszej
   technologii) pozwalajcego na zaoszczdzenie kosztów realizacji
   przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany
   sprzt nie moe mie parametrów gorszych ni okrelono w specyfikacji 
   zacznik nr 1. Wykonawca zobowizany jest dostarczy: owiadczenie od
   producenta o rozpoczciu i prowadzeniu produkcji urzdze nowej
   generacji lub nowej technologii; wypenion specyfikacj na nowy sprzt
   (zacznik nr 1) wraz z materiaami producenta powiadczajcymi
   spenienie wymaganych parametrów.;
    zmian umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej,
   które wynikn w okresie realizacji umowy i nie byy moliwe do
   przewidzenia przez adn ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie
   spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objtoci lub
   gramatury towaru).
   3) dla pozostaych zmian:
    zmiana sposobu dokonywania patnoci na rzecz Wykonawcy na skutek
   zmian zawartej przez Zamawiajcego umowy o dofinansowanie
   projektu-grantu lub wytycznych dotyczcych realizacji projektu-grantu;
   4) nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp, w
   szczególnoci:
   a) zmiana danych zwizanych z obsug administracyjno-organizacyjn
   umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów
   potwierdzajcych uregulowanie patnoci wobec podwykonawców);
   b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów
   midzy stronami.
   4. Wszelkie powysze postanowienia stanowi katalog zmian, na które
   Zamawiajcy moe wyrazi zgod. Nie stanowi jednoczenie zobowizania
   Zamawiajcego do wyraenia takiej zgody. W przypadku kadej zmiany o
   której mowa powyej po stronie wnoszcego propozycj zmian ley
   udokumentowanie powstaej okolicznoci. Powysze zmiany do umowy winny
   by wprowadzone poprzez zmian do umowy  w formie aneksu.
   5. Zmiany wymienione w pkt 4) nie wymagaj aneksu. Strony skadaj
   wnioski o koniecznoci wprowadzenia nie istotnej zmiany do umowy wraz z
   opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny zacznik do umowy, a
   jego tre zastpuje pierwotnie zawart umow tylko w zmienionych
   punktach.
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 1A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.p
   Faks: +48 224587800
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
   przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
   Zamawiajcego podjtej w Postpowaniu o udzieleniu zamówienia lub
   zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
   podstawie ustawy (art. 180 ust 1 ustawy Prawo zamówie publicznych).
   2. Przed upywem terminu do skadania ofert w przypadku naruszenia
   przez Zamawiajcego przepisów ustawy rodki ochrony prawnej przysuguj
   równie organizacjom zrzeszajcym Wykonawców wpisanym na list
   organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej,
   prowadzon przez prezesa UZP.
   3. Odwoanie powinno wskazywa czynnoci lub zaniechanie czynnoci
   Zamawiajcego, której zarzuca niezgodno z przepisami ustawy, zawiera
   zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz wskazywa
   okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwoania.
   4. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w terminie
   10 dni od dnia przesania informacji stanowicej podstaw wniesienia
   odwoania  jeeli zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust.
   2, jednoczenie przekazujc kopi treci odwoania Zamawiajcemu lub w
   cigu 15 dni jeeli zostay przesane w sposób inny.
   5. Na tre ogoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   odwoanie wnosi si w cigu 10 dni od dnia publikacji w dzienniku
   Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniu publikacji Specyfikacji
   Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwoanie wnosi si w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
   kwalifikowanego certyfikatu.
   7. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
   terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
   z jego treci przed upywem tego terminu za pomoc jednego ze sposobów
   okrelonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. (art. 180 ust 5 ustawy Pzp).
   8. Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwoania
   poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
   podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on
   zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysuguje odwoanie.
   9. rodki ochrony prawnej okrelone zostay w dziale VI ustawy z
   29.1.2004  Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
   759 z pón. zm.).
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 1A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.p
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Anästhesie - SE-Kristianstad
Ausrüstung für Anästhesie
Medizinische Geräte
Anästhesieinstrumente
Dokument Nr...: 3773-2016 (ID: 2016010709043641198)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  SE-Kristianstad: Ausrüstung für Anästhesie
   2016/S 4/2016 3773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Region Skåne, Koncerninköp
   Zu Händen von: Marc Wallgren
   SE-291 89 Kristianstad
   SCHWEDEN
   E-Mail: [4]marc.wallgren@skane.se
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33172100, 33100000, 33171100
   Beschreibung
   Ausrüstung für Anästhesie.
   Medizinische Geräte.
   Anästhesieinstrumente.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Intersurgical AB
   Gävlegatan 18 B
   SE-113 30 Stockholm
   SCHWEDEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   MedCore Sweden AB
   Box 6065
   SE-164 06 Kista
   SCHWEDEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Mediq Sverige AB
   Box 10302
   SE-434 24 Kungsbacka
   SCHWEDEN
   Internet-Adresse: [5]www.mediqsverige.se
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   IM-Medico Svenska Aktiebolag
   c/o Medico Svenska AB, Box 20013
   SE-161 02 Bromma
   SCHWEDEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Meda Aktiebolag
   Pipers väg 2, Box 906
   SE-170 09 Solna
   SCHWEDEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smiths Medical Sverige AB
   Box 1143
   SE-164 22 Kista
   SCHWEDEN
   E-Mail: [6]info.sweden@smiths-medical.com
   Internet-Adresse: smiths-medical.com
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:marc.wallgren@skane.se?subject=TED
   5. http://www.mediqsverige.se/
   6. mailto:info.sweden@smiths-medical.com?subject=TED
OT: 07/01/2016    S4    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
   förfarande
   Sverige-Kristianstad: Anestesiutrustning
   2016/S 004-003773
   Meddelande om tilldelning av kontrakt
   Varor
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Region Skåne, Koncerninköp
   Att: Marc Wallgren
   SE-291 89 Kristianstad
   SVERIGE
   E-post: [6]marc.wallgren@skane.se
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Regional eller lokal myndighet
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   Hälso- och sjukvård
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Benämning på upphandlingen
   Anestesi del 2.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Varor
   Köp
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Skåne län.
   NUTS-kod SE224
   II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
   Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
   II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Tidigare upphandling Anestesi del 1 på dnr 1402548.
   Denna upphandling innehåller de positioner som avbrutits på grund av
   bristande konkurrens och att inkomna anbud inte uppfyller samtliga
   ställda krav.
   II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   33172100, 33100000, 33171100
   II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
   II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion har använts: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
   1502555
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   Meddelande om upphandling
   Meddelandenummer i EUT: [7]2015/S 180-326483 av den 17.9.2015
   Avsnitt V: Kontraktstilldelning
   Kontrakt nr: 1 Benämning: Intersurgical AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Intersurgical AB
   Gävlegatan 18 B
   SE-113 30 Stockholm
   SVERIGE
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 2 Benämning: MedCore Sweden AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   MedCore Sweden AB
   Box 6065
   SE-164 06 Kista
   SVERIGE
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 3 Benämning: Mediq Sverige AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Mediq Sverige AB
   Box 10302
   SE-434 24 Kungsbacka
   SVERIGE
   Internetadress: [8]www.mediqsverige.se
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 4 Benämning: IM-Medico Svenska Aktiebolag
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   IM-Medico Svenska Aktiebolag
   c/o Medico Svenska AB, Box 20013
   SE-161 02 Bromma
   SVERIGE
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 5 Benämning: Meda Aktiebolag
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Meda Aktiebolag
   Pipers väg 2, Box 906
   SE-170 09 Solna
   SVERIGE
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Kontrakt nr: 6 Benämning: Smiths Medical Sverige AB
   V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
   5.11.2015
   V.2)Information om anbuden
   Antal mottagna anbud: 11
   V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
   tilldelning av kontrakt gäller
   Smiths Medical Sverige AB
   Box 1143
   SE-164 22 Kista
   SVERIGE
   E-post: [9]info.sweden@smiths-medical.com
   Internetadress: smiths-medical.com
   V.4)Upplysningar om kontraktets värde
   V.5)Information om underentreprenader
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Information om EU-medel
   VI.2)Kompletterande information:
   Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dinsdbqw
   VI.3)Överprövningsförfaranden
   VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.3.2)Överprövning
   VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.4)Datum då meddelandet sänts:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rauchmelder - FR-Paris
Rauchmelder
Dokument Nr...: 3873-2016 (ID: 2016010709055641309)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  FR-Paris: Rauchmelder
   2016/S 4/2016 3873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ADOMA
   42 rue Cambronne
   Zu Händen von: Mme Kiwan Carmen
   75740 Paris Cedex 15
   FRANKREICH
   Telefon: +33 140614360
   E-Mail: [4]carmen.kiwan@adoma.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.adoma.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   38431200
   Beschreibung
   Rauchmelder.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 201529 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   REXEL France SAS
   13 boulevard du Fort de Vaux, CS 60002
   75838 Paris Cedex 17
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:carmen.kiwan@adoma.fr?subject=TED
   5. http://www.adoma.fr/
   6. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
OT: 07/01/2016    S4    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Paris: Détecteurs de fumée
   2016/S 004-003873
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   ADOMA
   42 rue Cambronne
   À l'attention de: Mme Kiwan Carmen
   75740 Paris Cedex 15
   FRANCE
   Téléphone: +33 140614360
   E-mail: [6]carmen.kiwan@adoma.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.adoma.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre
   I.3)Activité principale
   Autre: Logement social
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture et la livraison de détecteurs avertisseurs autonomes de
   fumée (DAAF).
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture et la livraison de détecteurs avertisseurs autonomes de
   fumée (DAAF).
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   38431200
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 80
   2. Support de présentation des produits. Pondération 10
   3. Mémoire sur la reprise des produits usagés. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   NAT2015_29
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 185-335585 du 24.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 201529 Lot nº: 1 - Intitulé: Fourniture et la livraison de
   détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
   V.1)Date d'attribution du marché:
   16.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   REXEL France SAS
   13 boulevard du Fort de Vaux, CS 60002
   75838 Paris Cedex 17
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce nº 15-143797, mise en ligne le 21.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance
   4 boulevard du Palais
   75004 Paris
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   ADOMA, direction juridique
   42 rue Cambronne
   75740 Paris Cedex 15
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - UK-Birkenhead
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 3973-2016 (ID: 2016010709071341407)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  UK-Birkenhead: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
   2016/S 4/2016 3973
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1516062000
   E-Mail: [4]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.wirral.gov.uk/
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://www.the-chest.org.uk/
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://www.the-chest.org.uk/
   Weitere Auskünfte erteilen: Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1516062000
   E-Mail: [8]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1516062000
   E-Mail: [9]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Wirral Borough
   Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1516062000
   E-Mail: [10]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15000000
   Beschreibung
   Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 5.2.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   5.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
   5. http://www.wirral.gov.uk/
   6. https://www.the-chest.org.uk/
   7. https://www.the-chest.org.uk/
   8. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
   9. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
  10. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
OT: 07/01/2016    S4    - - Services - Contract notice - Open procedure
   United Kingdom-Birkenhead: Food, beverages, tobacco and related
   products
   2016/S 004-003973
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Contact point(s): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1516062000
   E-mail: [6]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.wirral.gov.uk/
   Electronic access to information: [8]https://www.the-chest.org.uk/
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [9]https://www.the-chest.org.uk/
   Further information can be obtained from: Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Contact point(s): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1516062000
   E-mail: [10]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: Wirral Borough Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Contact point(s): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1516062000
   E-mail: [11]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   Tenders or requests to participate must be sent to: Wirral Borough
   Council
   Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
   Contact point(s): Corporate Procurement
   CH41 5AL Birkenhead
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1516062000
   E-mail: [12]joesephton@wirral.gov.uk
   Fax: +44 1516663705
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Corporate Vending 2016.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   NUTS code UKD54
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Wirral Council are responsible for the management of all its assets
   across the Borough including 8 leisure centres, providing a range of
   sports and leisure facilities to the residents and visitors to the
   Borough. Within those centres we offer a comprehensive vending service.
   The Council would qualify the term Corporate as Office Facilities
   (including Administrative, Enquiry, Education centres, Community
   centres, Libraries, Industrial units and any other such buildings the
   Council have an active interest or participation in managing /
   supporting.
   Consideration is now being given to re-evaluate the service and
   proposals are being invited from suitably experienced vending companies
   to manage the contract of supplying and operating the Vending Machine
   Service.
   It is anticipated that the successful company will provide a fully
   managed vending operation to all sites, on a commission only basis.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   15000000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.1.8)Lots
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   Wirral Council are responsible for the management of all its assets
   across the Borough including 8 leisure centres, providing a range of
   sports and leisure facilities to the residents and visitors to the
   Borough. Within those centres we offer a comprehensive vending service.
   The Council would qualify the term Corporate as Office Facilities
   (including Administrative, Enquiry, Education centres, Community
   centres, Libraries, Industrial units and any other such buildings the
   Council have an active interest or participation in managing /
   supporting.
   Consideration is now being given to re-evaluate the service and
   proposals are being invited from suitably experienced vending companies
   to manage the contract of supplying and operating the Vending Machine
   Service.
   It is anticipated that the successful company will provide a fully
   managed vending operation to all sites, on a commission only basis.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 0 and 200 000 GBP
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: yes
   Number of possible renewals: 2
   In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
   timeframe for subsequent contracts:
   in days: 24 (from the award of the contract)
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: 60 (from the award of the contract)
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   See tender documents for further information.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   See tender documents for further information.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: no
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of
   solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   DN108059
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
   documents: 5.2.2016 - 12:00
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   5.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   5.2.2016
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 5.2.2016 - 12:00
   Place: Wirral Council- Legal Department
   Wallasey Town Hall, Brighton Street
   CH44 8ED Wallasey
   UNITED KINGDOM
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
   Additional information about authorised persons and opening procedure:
   Wirral Council- Legal Verifiers.
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   Royal Courts of Justice
   Strand
   WC2A 2LL London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2079476000
   Body responsible for mediation procedures
   Royal Courts of Justice
   Strand
   WC2A 2LL London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2079476000
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Appeals will be
   managed via [13]www.the-chest.org.uk
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Midzychód
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 4073-2016 (ID: 2016010709083541503)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  PL-Midzychód: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
   2016/S 4/2016 4073
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Skarb Pastwa PGL Lasy Pastwowe Nadlenictwo Midzychód
   Przedlesie 12
   Zu Händen von: Lech Jankowiak
   64-400 Midzychód
   POLEN
   Telefon: +48 957482091
   E-Mail: [4]miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
   Fax: +48 957482091
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]www.szczecin.lasy.gov.pl
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77200000
   Beschreibung
   Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   27.1.2016 - 09:30
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Polnisch.
References
   4. mailto:miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl?subject=TED
   5. http://www.szczecin.lasy.gov.pl/
OT: 07/01/2016    S4    - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
   otwarta
   Polska-Midzychód: Usugi lenictwa
   2016/S 004-004073
   Ogoszenie o zamówieniu
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Skarb Pastwa PGL Lasy Pastwowe Nadlenictwo Midzychód
   Przedlesie 12
   Osoba do kontaktów: Lech Jankowiak
   64-400 Midzychód
   POLSKA
   Tel.: +48 957482091
   E-mail: [6]miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
   Faks: +48 957482091
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szczecin.lasy.gov.pl
   Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
   kontaktowy(-e)
   Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
   konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
   adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
   przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: pastwowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci
   prawnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Inny: gospodarka lena
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
   Wykonywanie usug lenych na szkóce lenej w Nadlenictwie Midzychód.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Szkóka lena w Kaplinie Nadlenictwo
   Midzychód.
   Kod NUTS PL418
   II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
   dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
   Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
   II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
   II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
   okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
   jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
   zakresu szkókarstwa i nasiennictwa oraz zagospodarowania lasu do
   wykonania na terenie Nadlenictwa Midzychód w roku 2016.
   II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   77200000
   II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.1.8)Czci
   To zamówienie podzielone jest na czci: nie
   II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
   Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
   II.2)Wielko lub zakres zamówienia
   II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
   Wykonywanie prac z zakresu szkókarstwa, nasiennictwa i
   zagospodarowania lasu. czna pracochonno 9541.46 (normogodziny
   katalogowe  nh i godziny zegarowe  h).
   Szacunkowa warto bez VAT: 316 063,80 PLN
   II.2.2)Informacje o opcjach
   Opcje: nie
   II.2.3)Informacje o wznowieniach
   Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
   II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
   Rozpoczcie 10.2.2016. Zakoczenie 31.12.2016
   Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
   i technicznym
   III.1)Warunki dotyczce zamówienia
   III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
   Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci 6 300 PLN.
   Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach:
   1) pienidzu,
   2) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy
   oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze
   porczeniem pieninym,
   3) gwarancjach bankowych,
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5) porczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
   ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
   Przedsibiorczoci (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z
   póniejszymi zmianami).
   * Wadium wpacane w pienidzu naley wnie przelewem na rachunek
   bankowy Zamawiajcego w banku PKO BP O/Midzychód nr rachunku: 21
   10204144 0000 6002 0043 3250 z dopiskiem: Wadium  usugi lene 2016.
   * Z treci wadium wnoszonego w formie: porczenia bankowego, gwarancji
   bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porczeniach udzielonych przez
   podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
   utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci powinno wynika
   bezwarunkowe, na kade pisemne danie zgoszone przez Zamawiajcego w
   terminie zwizania ofert, zobowizanie gwaranta do wypaty
   Zamawiajcemu penej kwoty wadium w okolicznociach okrelonych w art.
   46 ust. 4a oraz art. 46ust. 5 Pzp. Dokument naley zoy w oryginale.
   * Wniesienie wadium w pienidzu bdzie skuteczne, jeeli przed upywem
   terminu skadania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym
   Zamawiajcego. Wadium wnoszone w formie innej ni pienidz powinno by
   zoone przed upywem terminu skadania ofert w siedzibie Zamawiajcego
   pokój nr 6. Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz zamówienia
   przez cay okres zwizania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium
   lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym
   terminie, zostanie wykluczony z postpowania, a jego oferta zostanie
   uznana za odrzucon.
   * Tre gwarancji wadialnej musi zawiera nastpujce elementy:
   1) nazw dajcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
   gwarancji/porczenia (Zamawiajcego), gwaranta(banku lub instytucji
   ubezpieczeniowej udzielajcych gwarancji/porczenia) oraz wskazanie ich
   siedzib;
   2) okrelenie wierzytelnoci, która ma by zabezpieczona
   gwarancj/porczeniem  okrelenie przedmiotu zamówienia;
   3) kwot gwarancji/porczenia;
   4) zobowizanie gwaranta/porczyciela do zapacenia bezwarunkowo i
   nieodwoalnie kwoty gwarancji/porczenia na pierwsze pisemne danie
   Zamawiajcego w okolicznociach okrelonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz
   art. 46 ust. 5 Pzp.
   * Wykonawcy, którego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza,
   Zamawiajcy zwraca wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie
   zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleytego
   wykonania umowy, jeeli jego wniesienia dano.
   * Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
   wycofa ofert przed upywem terminu skadania ofert.
   * Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, któremu
   zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, jeeli w wyniku
   rozstrzygnicia odwoania jego oferta zostaa wybrana jako
   najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okrelonym przez
   Zamawiajcego.
   * Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, Zamawiajcy zwraca je wraz z
   odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym byo ono
   przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
   oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy
   wskazany przez wykonawc.
   * Zamawiajcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca,
   którego oferta zostaa wybrana:
   1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
   warunkach okrelonych w ofercie;
   2) nie wniós wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
   3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stao si niemoliwe
   z przyczyn lecych po stronie wykonawcy.
   * Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli Wykonawca, w
   odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn
   lecych po jego stronie nie zoy dokumentów lub owiadcze, o
   których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, penomocnictw, listy podmiotów
   nalecych do tej samej grupy kapitaowej,o której mowa w art. 24 ust.
   2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej,
   lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyki, o której mowa w art. 87
   ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowao brak moliwoci wybrania oferty
   zoonej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej.
   III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
   odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
   III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
   zostanie udzielone zamówienie:
   III.1.4)Inne szczególne warunki
   Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
   Opis szczególnych warunków: Zasady, kryteria i standardy zrównowaonej
   gospodarki lenej FSC, PEFC dostpne na stronie pod adresem:
   [8]http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz,
   [9]http://www.pefc-polska.pl
   III.2)Warunki udziau
   III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
   do rejestru zawodowego lub handlowego
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny
   speniania wymogów: W postpowaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy
   nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia w
   okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, art. 24 ust. 2a
   Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
   1. Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp Zamawiajcy wykluczy z postpowania
   o udzielenie zamówienia wykonawc, który w okresie 3 lat przed
   wszczciem postpowania, w sposób zawiniony powanie naruszy obowizki
   zawodowe, w szczególnoci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
   dziaania lub racego niedbalstwa nie wykona lub nienaleycie wykona
   zamówienie.
   Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp Zamawiajcy wykluczy z
   postpowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nalec do tej
   samej grupy kapitaowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
   konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z pón. zm.), zoyli
   odrbne oferty, chyba, e wyka, e istniejce midzy nimi powizania
   nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy wykonawcami w
   postpowaniu o udzielenie zamówienia.
   2. W postpowaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy speniaj warunki
   udziau w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczce:
   1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
   czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania.
   Zamawiajcy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu speniania
   tego warunku udziau w postpowaniu.
   2) posiadania wiedzy i dowiadczenia.
   Warunek ten zostanie speniony, jeli Wykonawca wykae, e w okresie
   ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert (a jeeli okres
   prowadzenia dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie):
   zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku bdzie liczona
   warto zrealizowanej czci umowy)usug lub usugi polegajce na
   wykonywaniu prac z zakresu szkókarstwa i nasiennictwa, na czn kwot
   nie mniejsz ni 160 000 PLN brutto,
   3. Ocena speniania warunków udziau w postpowaniu dokonana zostanie
   zgodnie z formu spenia/nie spenia, w oparciu o informacje
   zawarte w dokumentach lub owiadczeniach zoonych przez Wykonawców, o
   których mowa w pkt 8 SIWZ.
   4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
   zamówienia, kady z warunków udziau w postpowaniu okrelonych w pkt
   7.2. SIWZ winien spenia co najmniej jeden z tych wykonawców albo
   wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. aden z wykonawców wspólnie ubiegajcych
   si o udzielenie zamówienia nie moe podlega wykluczeniu z
   postpowania. 6. W przypadku, gdy wartoci okrelone w dokumentach
   przedkadanych na potwierdzenie spenienia warunku dot. wiedzy i
   dowiadczenia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostan wyraone
   w walutach obcych to do oceny spenienia warunku zostan przeliczone na
   zote (PLN) wedle redniego kursu NBP danej waluty do PLNz dnia
   publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii
   Europejskiej.
   6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia do oferty naley zaczy:
   a) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia  zgodnie z zacznikiem
   nr 3 do SIWZ.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
   b) aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
   informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
   wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
   podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
   nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   c) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajcego, i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   d) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   e) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
   okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 i 1011 Pzp  wystawione nie
   wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   f) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrelonym
   w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp  wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy
   przed upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   g) Jeeli w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
   58, 10 i 11 Pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
   zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
   zamieszkania dotyczcego niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym
   w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 Pzp  wystawione nie wczeniej ni 6
   miesicy przed terminem skadania ofert, z tym e w przypadku, gdy w
   miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze 
   zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
   waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
   zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
   notariuszem;
   h) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
   2 pkt 5 Pzp Wykonawca wraz z ofert skada list podmiotów nalecych
   do tej samej grupy kapitaowej albo informacj o tym, e nie naley do
   grupy kapitaowej (wg wzoru stanowicego zacznik nr 7 do SIWZ). W
   przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
   7. W przypadku oferty wykonawców wykonujcych dziaalno w formie
   spóki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie
   ubiegajcych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje si
   odpowiednio z zastrzeeniem, e do oferty naley zaczy (1) aktualne
   zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego,
   i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zawiadczenie, e
   uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
   raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu oraz (2) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau
   Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
   Spoecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem
   skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e
   uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
   raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu odrbnie dla kadego ze wspólników oraz odrbnie dla
   spóki.
   8. W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla
   kadej czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce
   owiadczenia i dokumenty:
   a) owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu
   okrelonych w art. 22 ust. 1 Pzp  zgodnie z zacznikiem nr 2 do SIWZ;
   b) wykaz usug wykonanych (a w przypadku wiadcze okresowych lub
   cigych równie wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed
   upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
   dziaalnoci jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
   przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usugi zostay
   wykonane oraz zaczeniem dowodów, e usugi zostay wykonane lub s
   wykonywane naleycie  zgodnie z zacznikiem nr 4 do SIWZ.
   Dowodami s: (1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal
   wykonywanych usug okresowych lub cigych powiadczenie powinno by
   wydane nie wczeniej ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania
   ofert; (2) owiadczenie Wykonawcy  jeeli z uzasadnionych przyczyn o
   obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
   powiadczenia, o którym mowa w pkt (1). W przypadku, gdy Zamawiajcy
   jest podmiotem, na rzecz którego usugi wykazane w wykazie, zostay
   wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkadania w/w
   dowodów. W przypadku skadania oferty wspólnej Wykonawcy skadaj jeden
   wspólny w/w wykaz dla kadej czci.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Dokument, z którego bdzie wynika zobowizanie podmiotu
   trzeciego powinien wyraa w sposób jednoznaczny wol udostpnienia
   Wykonawcy ubiegajcemu si o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
   wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas
   udostpnienia oraz inne okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego
   zasobu. Z treci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika:
   (1) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób
   wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu
   zamówienia, (3)charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym
   podmiotem, (4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
   zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu wykonawcy do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia okrela
   zacznik nr 11 do SIWZ.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
   Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
   niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
   czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
   ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
   SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
   w pkt 8.1. SIWZ.
   III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
   udzielenie zamówienia do oferty naley zaczy:
   a) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
   potwierdzajcego, i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
   zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
   lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
   wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
   miesice przed upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
   b) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
   Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
   potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
   ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
   przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozoenie na raty
   zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
   waciwego organu  wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
   upywem terminu skadania ofert.
   W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
   przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
   przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
   W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla kadej
   czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce owiadczenia i
   dokumenty: informacj banku lub spódzielczej kasy
   oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajce wysoko posiadanych rodków
   finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawian nie wczeniej
   ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert; jeeli z
   uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi dokumentów
   dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
   Zamawiajcego,moe przedstawi inny dokument, który w wystarczajcy
   sposób potwierdza spenianie opisanego przez Zamawiajcego warunku.
   Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
   finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
   charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
   sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
   tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
   przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
   oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia. Dokument, z którego bdzie wynika zobowizanie podmiotu
   trzeciego powinien wyraa w sposób jednoznaczny wol udostpnienia
   Wykonawcy ubiegajcemu si o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
   wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas
   udostpnienia oraz inne okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego
   zasobu. Z treci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika:
   (1) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób
   wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu
   zamówienia, (3) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z
   innym podmiotem, (4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy
   wykonywaniu zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu
   wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
   zamówienia okrela zacznik nr 11 do SIWZ.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
   Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
   niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
   czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
   ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
   SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
   w pkt 8.1 SIWZ.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiajcy nie
   stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu speniania warunku udziau
   w postpowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolnoci ekonomicznej.
   Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie speniony, jeli
   Wykonawca wykae, e dysponuje rodkami finansowymi lub zdolnoci
   kredytow nie mniejsz ni 25 000 PLN.
   III.2.3)Kwalifikacje techniczne
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
   wymogów:
   W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla kadej
   czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce owiadczenia i
   dokumenty:
   a) wykaz urzdze technicznych dostpnych Wykonawcy wraz z informacj o
   podstawie dysponowania zasobami (zacznik nr 6 do SIWZ);
   b) wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonaniu zamówienia wraz z
   informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia
   niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez
   nich czynnoci wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi
   osobami oraz owiadczeniem, e osoby które bd uczestniczy w
   wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadaj wymagane
   uprawnienia (zacznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca moe polega na wiedzy i
   dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
   zamówienia, zdolnociach finansowych lub ekonomicznych innych
   podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
   stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni
   Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
   zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
   zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
   zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego bdzie
   wynika zobowizanie podmiotu trzeciego powinien wyraa w sposób
   jednoznaczny wol udostpnienia Wykonawcy ubiegajcemu si o
   zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa jakiego zasobu
   dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas udostpnienia oraz inne
   okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego zasobu. Z treci
   przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika: (1) zakres
   dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania
   zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia,
   (3) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym podmiotem,
   (4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
   zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu wykonawcy do
   dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia okrela
   zacznik nr 11 do SIWZ.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
   Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
   niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
   czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
   ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
   SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
   Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
   22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
   okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
   realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
   przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
   w pkt 8.1 SIWZ.
   Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   Dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia.
   Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjaem technicznym oraz
   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie speniony, jeli
   Wykonawca wykae, e dysponuje:
   a) co najmniej 1 osob która ukoczya z wynikiem pozytywnym szkolenie
   dopuszczajce do wykonywania oprysków chemicznych zgodne z
   Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2013 w sprawie
   szkole w zakresie rodków ochrony rolin (Dz.U. 2013, poz. 554 z pón.
   zm.);
   b) co najmniej 1 szt. cignik;
   c) co najmniej 1 szt. pug do przygotowania gleby;
   d) co najmniej 1 szt. opryskiwacz cignikowy;
   e) co najmniej 1 szt. agregat uprawowy.
   III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
   III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
   III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
   wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
   III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
   Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
   odpowiedzialnych za wykonanie usugi: tak
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
   skadania ofert lub do udziau
   IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   kryteria okrelone poniej
   1. Cena. Waga 80
   2. Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na
   podstawie umowy o prac. Waga 20
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
   NA.270.1.2016
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
   dokumentu opisowego
   IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
   postpowaniu
   27.1.2016 - 09:30
   IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
   zakwalifikowanym kandydatom
   IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
   dopuszczenie do udziau w postpowaniu
   polski.
   IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
   Okres w miesicach: 30 (od ustalonej daty skadania ofert)
   IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
   Data: 27.1.2016 - 10:00
   Miejscowo:
   Nadlenictwo Midzychód, Przedlesie 12, 64-400 Midzychód, sala narad I
   pitro nr 13.
   Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
   Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
   VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.3)Informacje dodatkowe
   1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o
   których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokoci do 50 % wartoci
   poszczególnych czci zamówienia.
   2. Przeduenie terminu obowizywania Umowy maksymalnie do 31.1.2017 w
   przypadku braku moliwoci wykonania przez Wykonawc zleconych usug
   przed upywem terminu obowizywania Umowy, z przyczyn nielecych po
   stronie Wykonawcy, polegajcych na dziaaniu siy wyszej, za któr
   uwaa si zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystpujce po
   zawarciu Umowy w szczególnoci powód, deszcz nawalny,poar, huraganowe
   wiatry albo polegajcych na wystpieniu niekorzystnych warunków
   pogodowych, których zaistnienie lub skutki uniemoliwiaj wykonanie
   usug w terminie obowizywania Umowy.
   VI.4)Procedury odwoawcze
   VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Urzd Zamówie Publicznych  Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17 A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800/3
   VI.4.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Wykonawca,
   jeeli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub moe
   ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Pzp
   moe skorzysta ze rodków ochrony prawnej okrelonych w dziale VI Pzp,
   tj. odwoanie i skarga do sdu.
   2. Odwoanie przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy
   czynnoci zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia
   lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
   podstawie Pzp.
   3. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
   Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami Pzp,
   zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
   wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
   odwoania.
   4. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
   pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
   elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
   certyfikatu.
   5. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
   o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia  jeeli
   zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w
   terminie 15 dni  jeeli zostay przesane w inny sposób.
   6. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
   postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
   wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si
   w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
   Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia na stronie internetowej.
   7. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 18.5 i pkt 18.6
   w SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy
   zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o
   okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej stronom oraz uczestnikom
   postpowania odwoawczego przysuguje skarga do sdu.
   VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych  Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17 A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [12]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [13]http://www.uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800/3
   VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Restaurant- und Bewirtungsdienste - IT-Rom
Restaurant- und Bewirtungsdienste
Betrieb von Kantinen
Ausschankdienste
Dokument Nr...: 4173-2016 (ID: 2016010709100941606)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  IT-Rom: Restaurant- und Bewirtungsdienste
   2016/S 4/2016 4173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ACI Informatica SpA
   Via Fiume delle Perle 24
   00144 Roma
   ITALIEN
   Telefon: +39 0652999666
   E-Mail: [4]gara.mensa2015@informatica.aci.it
   Fax: +39 065295975 / 0652999679
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.informatica.aci.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   55300000, 55512000, 55410000
   Beschreibung
   Restaurant- und Bewirtungsdienste.
   Betrieb von Kantinen.
   Ausschankdienste.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sodexo Italia SpA
   Via Fratelli Gracchi 36
   20092 Cinisello Balsamo (MI)
   ITALIEN
   E-Mail: [6]sodexoaziende@legalmail.it
   Telefon: +39 0665093155
   Fax: +39 0665093145
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 965 250 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:gara.mensa2015@informatica.aci.it?subject=TED
   5. http://www.informatica.aci.it/
   6. mailto:sodexoaziende@legalmail.it?subject=TED
OT: 07/01/2016    S4    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
   aperta
   Italia-Roma: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
   2016/S 004-004173
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   ACI Informatica SpA
   Via Fiume delle Perle 24
   00144 Roma
   ITALIA
   Telefono: +39 0652999666
   Posta elettronica: [6]gara.mensa2015@informatica.aci.it
   Fax: +39 065295975 / 0652999679
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.informatica.aci.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Organismo di diritto pubblico
   I.3)Principali settori di attività
   Altro: servizi informatici
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto
   ambientale.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Presso la sede di ACI Informatica S.p.A.
   sita a Roma in Via Fiume delle Perle 24.
   Codice NUTS
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   L'appalto ha ad oggetto l'erogazione del servizio di mensa aziendale e
   gestione del bar interno per un numero complessivo stimato di pasti da
   erogare nel triennio contrattuale pari a 165 000.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   55300000, 55512000, 55410000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
   1. Prezzo. Ponderazione 50
   2. Merito tecnico. Ponderazione 50
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 043-074459 del 3.3.2015
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   29.12.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 17
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   Sodexo Italia SpA
   Via Fratelli Gracchi 36
   20092 Cinisello Balsamo (MI)
   ITALIA
   Posta elettronica: [9]sodexoaziende@legalmail.it
   Telefono: +39 0665093155
   Fax: +39 0665093145
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 965 250 EUR
   IVA esclusa
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   1) II.1.5) CPV: oggetto principale: 55300000-3; 55512000-2; 55410000-7;
   2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: il
   Bando di gara è pubblicato sulla GURI, 5a Serie Speciale  Contratti
   pubblici, n. 29 del 9.3.2015.
   3) V.4) Informazione sul valore dell'appalto:
   Valore totale dell'appalto: 965 250 EUR, IVA esclusa, oltre a 390 EUR
   per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Il corrispettivo
   unitario per singolo pasto è di 5,85 EUR.
   4) Codice CIG: 6114125F8C.
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR del Lazio  sede di Roma
   Via Flaminia
   00196 Roma
   ITALIA
   Posta elettronica: [10]webmaster@giustizia-amministrativa.it
   Telefono: +39 06328721
   Indirizzo internet: [11]https://www.giustizia-amministrativa.it
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso
   avanti al TAR nei termini e con le modalità di legge.
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Sortiermaschinen - FR-Besançon
Sortiermaschinen
Postverteilanlagen
Versandeinrichtungen
Massenversandeinrichtungen
Dokument Nr...: 4273-2016 (ID: 2016010709110541707)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  FR-Besançon: Sortiermaschinen
   2016/S 4/2016 4273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Centre hospitalier régional et univers
   2 place Saint-Jacques
   Zu Händen von: Mme Cenni A Mel
   25030 Besançon Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 381218659
   E-Mail: [4]aouldadda@chu-besancon.fr
   Fax: +33 381218743
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]https://www.achatpublic.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30132000, 30132100, 30133000, 30133100
   Beschreibung
   Sortiermaschinen.
   Postverteilanlagen.
   Versandeinrichtungen.
   Massenversandeinrichtungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Pitney BOWES
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:aouldadda@chu-besancon.fr?subject=TED
   5. https://www.achatpublic.com/
OT: 07/01/2016    S4    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Besançon: Matériel de tri
   2016/S 004-004273
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Centre hospitalier régional et univers
   2 place Saint-Jacques
   À l'attention de: Mme Cenni A Mel
   25030 Besançon Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 381218659
   E-mail: [6]aouldadda@chu-besancon.fr
   Fax: +33 381218743
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]https://www.achatpublic.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 27: Autres services
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Location et maintenance d'un matériel de mise sous pli pour le bureau
   des entrées du CHRU de Besançon.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   30132000, 30132100, 30133000, 30133100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique des produits et prestations. Pondération 50
   2. Prix. Pondération 50
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015/85
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 162-297074 du 22.8.2015
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Location et maintenance d'un matériel de mise sous pli pour
   le CHRU de Besançon
   V.1)Date d'attribution du marché:
   25.11.2015
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Pitney BOWES
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-128659, mise en ligne le 19.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Besançon
   30 rue Charles Nodier
   25000 Besançon
   E-mail: [9]greffe.ta-besancon@juradm.fr
   Téléphone: +33 381826000
   Fax: +33 381826001
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Innenausstattungsgegenstände - FR-Paris La Défense
Innenausstattungsgegenstände
Dokument Nr...: 4373-2016 (ID: 2016010709121541808)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  FR-Paris La Défense: Innenausstattungsgegenstände
   2016/S 4/2016 4373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   EDF SA
   20 place de la Défense
   Kontaktstelle(n): Portail achats
   Zu Händen von: Fabrice Guyard
   92050 Paris La Défense Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 361260774
   E-Mail: [4]fabrice.guyard@edf.fr
   Fax: +33 361260783
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.edf.com
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://pha.edf.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44115800
   Beschreibung
   Innenausstattungsgegenstände.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 1
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 2
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 3
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 4
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   Los-Nr: 5
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
   4. mailto:fabrice.guyard@edf.fr?subject=TED
   5. http://www.edf.com/
   6. https://pha.edf.com/
OT: 07/01/2016    S4    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure négociée
   France-Paris La Défense: Aménagements intérieurs de bâtiment
   2016/S 004-004373
   Avis d'attribution de marché  secteurs spéciaux
   Directive 2004/17/CE
   Section I: Entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   EDF SA
   20 place de la Défense
   Point(s) de contact: Portail achats
   À l'attention de: Fabrice Guyard
   92050 Paris La Défense Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 361260774
   E-mail: [6]fabrice.guyard@edf.fr
   Fax: +33 361260783
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale de lentité adjudicatrice: [7]www.edf.com
   Adresse du profil dacheteur: [8]https://pha.edf.com
   I.2)Activité principale
   Électricité
   I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
   adjudicatrices
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
   adjudicatrices: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Marchés de travaux de rénovation intérieure des bâtiments 1-2-3 UFPI
   site du Bugey.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: EDF  Unité de Formation Production
   Ingénierie  Campus du Bugey  BP 70130  01155 LAGNIEU cedex.
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Marché de travaux immobiliers par lot, rénovation intérieure des
   bâtiments 1-2-3UFPI site du Bugey. Les lots concernés par les travaux
   sont:
    lot n° 00 généralités communes à tous les lots,
    lot n° 01 désamiantage,
    lot n° 02 démolitions et déposés intérieures  maçonnerie  carrelage
   faïences,
    lot n° 03 finitions avec les corps d'état suivants:
    plâtrerie  peinture,
    plafonds suspendus,
    menuiserie sintérieures bois,
    sols souples,
    planchers techniques,
    cloisons démontables,
    agencement (optionnel),
    lot n° 04 plomberie sanitaire  ventilation  CVC,
    lot n° 05 électricité courants faibles  courants forts  MRI.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   44115800
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
   adjudicatrice:
   n°tender 164929
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 1 - Intitulé: Désamiantage
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   21.12.2015
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 2 - Intitulé: Démolition et déposes intérieures
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 3 - Intitulé: Lot de finitions
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 4 - Intitulé: Plomberie sanitaire ventilation-CVC
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   V.1)Attribution et valeur du marché
   Lot nº: 5 - Intitulé: Électricité-courants forts et faibles-MRI
   V.1.1)Date d'attribution du marché:
   V.1.2)Informations sur les offres
   V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   V.1.4)Informations sur le montant du marché
   V.1.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance de Paris
   4 boulevard du Palais
   75055 Paris
   FRANCE
   Adresse internet: [9]http://www.justice.gouv.fr
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal de grande instance de Paris
   4 boulevard du Palais
   75055 Paris
   FRANCE
   Adresse internet: [10]http://www.justice.gouv.fr
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen - MK-Skopje
Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen
Dokument Nr...: 4473-2016 (ID: 2016010709132341905)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  MK-Skopje: Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen
   2016/S 4/2016 4473
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ministry of Transport and Comunication  Macedonia
   str. Dame Gruev no. 6
   Zu Händen von: Borce Razmoski
   1000 Skopje
   EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
   Telefon: +389 23145445
   E-Mail: [4]borce.razmoski@mtc.gov.mk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://mtc.gov.mk
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://mtc.gov.mk
   Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]http://e-nabavki.gov.mk
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://e-nabavki.gov.mk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   65130000
   Beschreibung
   Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 22.1.2016 - 10:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.1.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Sonstige: Macedonian.
References
   4. mailto:borce.razmoski@mtc.gov.mk?subject=TED
   5. http://mtc.gov.mk/
   6. http://mtc.gov.mk/
   7. http://e-nabavki.gov.mk/
   8. http://e-nabavki.gov.mk/
OT: 07/01/2016    S4    - - Supplies - Contract notice - Open procedure
   Former Yugoslav Republic of Macedonia-Skopje: Operation of water
   supplies
   2016/S 004-004473
   Contract notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Ministry of Transport and Comunication  Macedonia
   str. Dame Gruev no. 6
   For the attention of: Borce Razmoski
   1000 Skopje
   FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
   Telephone: +389 23145445
   E-mail: [6]borce.razmoski@mtc.gov.mk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]http://mtc.gov.mk
   Address of the buyer profile: [8]http://mtc.gov.mk
   Electronic access to information: [9]http://e-nabavki.gov.mk
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [10]http://e-nabavki.gov.mk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their
   regional or local sub-divisions
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Public Procurement of Goods  Equipment by Placement and Integration of
   the Equipment for Reconstruction of Pump Station for Well B1 and B3 and
   Reconstruction of Repump Station Murgashevo for the Water Supply System
   of the Municipality of Demir Hisar.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Murgashevo, Municipality of Demir Hisar.
   NUTS code MK
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   All details are given at the tender documentation.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   65130000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   Estimated value excluding VAT: 7 270 000 MKD
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: 6 (from the award of the contract)
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   As part of the tender, the respective economic operator shall
   obligatory provide tender guarantee amounting 3 % of the total value of
   the respective tender, VAT exclude.
   Performance guarantee:
   The requirement for signing the contract with the most advantageous
   economic operator is the provision of a performance guarantee for the
   contract in amount of 10 % of the public procurement contract value.
   Advanced payment:
   For the performance of the Public Procurement Contract, advanced
   payment in the amount of 20 % of the contract value with VAT included
   shall be allowed. Prior to the payment of the advance, the procurement
   holder is obliged to submit a bank guarantee in the amount of the
   agreed advance within 5 working days as of the day of signing the
   Contract with a validity period until the day of payment of the 1^st
   interim situation, whose value is in the amount of the advance.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   Payment terms:
   For the performed procurement by placement and integration of the water
   meters and other equipment, the bidder should submit:
    Attest from the manufacturer should be obligatorily submitted during
   the delivery, separately for each part of the procurement;
    Signed and verified Interim Report with a bill of quantities for the
   performed procurement with placement and integration of the water
   meters and other equipment;
    Signed and verified Final Report prepared with bill of quantities for
   the performed procurement with placement and integration of the water
   meters and other equipment.
   Method of payment:
   The payment shall be effectuated in the following manner:
    The payment shall be effectuated with a transfer order within 180
   days as of the receipt of the signed and verified invoices submitted to
   the archive of the Contracting Authority upon the actually performed
   procurement and placement and integration of the scope of the
   procurement;
    The payment of the scope of the procurement shall be effectuated by
   preparing and submitting an invoice which should contain the following:
   a. The annex to the invoice should comprise duly verified dispatch note
   and the annexes specified in item 7.1.2;
   b. The method of payment is obligatory. Each bid that contains a method
   of payment different than the 1 referred to in this item shall be
   considered as unacceptable and as such it shall be rejected by the
   Public Procurement Commission.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   Group of tenderers shall also have the right to submit a tender without
   the obligation to be associated in the appropriate legal form.
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:  Statement of the economic operator that, within
   the last 5 years, it has not had any legally effective judgment for
   participation in a criminal organization, corruption, fraud or money
   laundering, pronounced against it;
    Confirmation that it is not subject to an open bankruptcy procedure
   by a competent authority of the country of registration of the economic
   operator;
    Confirmation that it is not subject to an open liquidation procedure
   by a competent authority of the country of registration of the economic
   operator;
    Confirmation for paid taxes, contributions and other public dues
   issued by a competent authority in the country where the economic
   operator is registered;
    Confirmation from the Registry of Penalties for Committed Criminal
   Acts of the legal entities that it was not pronounced with a 2^nd
   penalty prohibiting the participation in the public procedures, the
   Public procurement Contract Award procedures and the public-private
   partnership procedures;
    Confirmation from the Registry of Penalties for Committed Criminal
   Acts of the legal entities that they were not pronounced with a 2^nd
   penalty for temporary or permanent prohibiting for performing certain
   activity; and
    Confirmation that there is no legally effective judgment imposing a
   misdemeanour sanction involving prohibition to perform a profession,
   activity or duty, or prohibition to perform a specific activity,
   imposed against it from the country of registration of the economic
   operator.
   The statement referred to in indent 1, sub-item 2.2.2 is prepared in an
   electronic form and signed with an electronic signature by the economic
   operator, and the same should not be verified by a competent authority.
   The confirmation referred to in indent 2, sub-item 2.2.2, that there
   are is open bankruptcy procedure, and the confirmation referred to
   indent 3 of sub-item 2.2.2, that there is no open liquidation
   procedure, as well as the confirmations of the Registry of Penalties
   for Committed Criminal Acts referred to in indents 5 and 6 of
   sub-item2.2.2, are issued by competent authorities in the country where
   the economic operator is registered. The Central Registry of RM is the
   competent authority for issuing such confirmations in the Republic of
   Macedonia.
   The confirmation referred to in indent 4, sub-item 2.2.2 for paid
   taxes, contributions and other public dues is issued by a competent
   authority in the country of registration of the economic operator. The
   Public Revenues Office is the competent authority in the Republic of
   Macedonia for issuing of this confirmation.
   The confirmation referred to in indent 7, sub-item 2.2.2 is issued by
   the competent authority of the country where the economic operator is
   registered.
   The Central Registry of RM is the competent authority for issuing of
   this confirmation in the Republic of Macedonia.
   The documents referred to in sub-item 2.2.2 must not be older than 6
   (six) months counted backwards from the final deadline for submission
   of the tenders.
   The documents proving the personal standing are submitted in original
   or a copy verified by the economic operator.
   If the contracting authority has any doubts regarding the documents
   proving the personal standing of the economic operator, it can request
   information directly from the competent bodies that have issued the
   documents proving the personal standing.
   If the country where the economic operator is registered does not issue
   the documents referred to in sub-item 2.2.2 or if the documents do not
   include all cases stipulated above the economic operator shall be
   obliged to submit a Statement, verified with a competent authority,
   declaring that there are no open bankruptcy procedures against it;
   there are no open liquidation procedures, that the economic operator
   has paid all taxes,contributions and other public dues to the state;
   that no 2^nd penalty prohibiting the participation in public
   procurement procedures, contract award procedures or public-private
   partnership procedures was pronounced against the economic operator;
   that no 2^nd penalty for temporary or permanent prohibition for
   performing a certain activity was pronounced against the economic
   operator; and that no legally effective judgment for a misdemeanour
   sanction  prohibition to perform a profession, activity, or duty, that
   is, a temporary prohibition to perform a certain activity in the
   country of registration of the tenderer was pronounced against the
   economic operator.
   Capability for performing a professional activity:
   In order to prove the capability for performing a professional
   activity, the economic operator should submit a document of registered
   activity as a proof that it is registered as natural person or legal
   entity for performing the activity related to the scope of the contract
   on public procurement or a proof that it is a member of an adequate
   professional association in accordance with the regulations of the
   country in which it is registered.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: Not required.
   Minimum level(s) of standards possibly required: Not required.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:
   Not required.
   Minimum level(s) of standards possibly required:
   Not required.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   Lowest price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: yes
   Additional information about electronic auction: The Contracting
   Authority shall use the electronic auction as the final phase in the
   open procedure. The subject of the auction is the total price of the
   public contract subject, that is, the lowest price out of the
   acceptable tenders submitted in the initial phase of the procedure. The
   request for participation at the auction shall be electronically
   delivered through the ESPP following the complete evaluation of the
   initial tenders, to all economic operators who have submitted
   acceptable tenders in the 1st phase of the procedure. Following the
   complete evaluation of the initial tenders and the approval of the
   initial ranking list, an automatic notification shall be sent through
   the ESPP to the registered e-mail address of each economic operator who
   is not qualified for participation at the electronic auction, whereas
   the qualified tenderers for participation at the auction shall be
   directly submitted with a Request for Participation at the auction. The
   request for participation at the auction shall contain the following
   data: initial auction price, that is the lowest price of the initially
   submitted tenders; date and hour of commencement and closing of the
   auction; the interval within which the negative bidding shall be
   carried out (minimal and maximal difference in offered prices); as well
   as the current rank of the tenderer made on the basis of the initially
   submitted price. The reached total price at the electronic auction,
   including all costs and discounts, VAT excluded, for the contract
   subject, shall involve proportional reduction of prices for each
   position of the public procurement contract subject.
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   153/2015
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
   documents: 22.1.2016 - 10:00
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   22.1.2016 - 10:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   Other: Macedonian.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 22.1.2016 - 10:00
   Place:
   Ministry of Transport and Communications.
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
   Additional information about authorised persons and opening procedure:
   Any interested party can attend the public opening of tenders. Only the
   authorised representatives of the tenderers may participate in the
   procedure for public opening of tenders with providing their own
   remarks registered in the minutes for the tender opening.
   At the public opening of tenders, authorised representatives of
   economic operators must present an authorisation signed by the
   authorised person of the economic operator. All authorised
   representatives of the economic operators present at the public opening
   of tenders should sign an attendance list.
   The tender opening shall be electronic, via the ESPP, and shall be
   public.
   The public opening of tenders shall take place on 22.1.2016 at 10:00 in
   the Ministry of Transport and Communications. All submitted tenders
   shall be opened in-line with the Law on Public Procurement, as follows:
   1 at a time, by reading the name of each economic operator, followed by
   establishing whether the tenders have been submitted pursuant to item
   4.8 of the tender documentation and whether all tenders have been
   signed electronically, followed by a reading of tenders respecting the
   same order of opening. The tenderers which shall fail to meet the
   requirements referred to in the tender documentation shall be excluded
   from the further procedure, that is, they shall not be invited to the
   electronic auction. None of the tenders shall be rejected at the
   opening of the tenders, except for the late tenders.
   The Public Procurement Commission shall open the tenders even if only 1
   tender is received. In that case, there shall be no electronic auction.
   The condition for having an electronic auction is to receive at least 2
   acceptable tenders in the procedure. During the public opening of
   tenders and evaluation of the initially submitted tenders, minutes
   shall be kept in-line with the Rulebook for the Procedure for Tenders
   Opening and the Form for Minutes Keeping at Tenders Opening (Official
   Gazette of the Republic of Macedonia No 154/07), as well as a Report
   on the conducted procedure.
   Prior to evaluating the tenders, the commission shall check whether a
   negative reference was published till the expiry of the deadline for
   submission of tenders and shall verify the completeness and validity of
   the documentation proving the tenderer's capability. Unacceptable
   tenders shall not be evaluated by the commission. The evaluation of
   tenders shall be performed in accordance with the criteria indicated in
   the tender documentation, published in the contract award notice.
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   Deadline and place of delivery:
   The holder of the procurement shall be obliged to perform the
   procurement with placement and integration within 6 (six) calendar
   months.
   The procurement shall be performed successively in accordance with the
   adopted dynamics for the procurement with placement and integration,
   approved by the Purchaser.
   The deadline for delivery of the goods shall start as of the day of
   commissioning of the holder of the procurement.
   Each bid that contains a delivery deadline different than the 1
   referred to in this item shall be considered as unacceptable and as
   such it shall be rejected by the Public Procurement Commission.
   Advance payment:
   7.4.1. For the purpose of performing the contract on public
   procurement, an advance payment in the amount of 20 % of the contract
   value, VAT included, shall be allowed.
   Prior to the payment of the advance, the holder of the procurement
   shall be obliged to submit a bank guarantee in the amount of the agreed
   advance payment within 5 working days as of the day of signing of the
   Contract with validity period as of the day of payment of the 1^st
   interim situation, whose value is in the amount of the advance payment.
   II) Technical Specifications:
   1. Pumps Well 1: Vertical well pump, length of installation L = 10 m,
   with included suction filter:
    Q = 1 300-2 220 lit/min;
    H = 42-22 mVs;
    Power of installed electric motor not exceeding 15 kW;
    The consumption in the work point not exceeding 12,5 kW;
    Pump performance higher than 75 %;
    NPSH mx. 5 m.
   Material:
    Body: Gray iron;
    Work circuits: Gray iron;
    Suction filter: galvanized steel.
   Electric motor:
    400 V ± 5 %, 50 Hz,
    Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
   equivalent;
    The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 300 kg.
   Well 3:
   Vertical well pump, length of installation L = 9 m, with included
   suction filter:
    Q = 1 300-2 220 lit/min;
    H = 42-22 mVs;
    Power of installed electric motor not exceeding 15 kW;
    The consumption in the work point not exceeding 12,5 kW;
    Pump performance higher than 75 %;
    NPSH mx. 5 m.
   Material:
    Body: Gray iron;
    Work circuits: Gray iron;
    Suction filter: galvanized steel.
   Electric motor:
    400 V ± 5 %, 50 Hz;
    Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
   equivalent;
    The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 300 kg.
   Repumping station:
   Vertical well pumps, length of installation L = 9 m, with included
   suction filter:
    1 pump operation:
   Q = 1 200-1 800 lit/min;
   H = 108-52 mVs.
    Parallel operation of 2 pumps:
   Q = 2 100-3 600 lit/min;
   H = 114-55 mVs.
    Power of installed electric motor not exceeding 30 kW;
    The consumption in the work point not exceeding 27 kW;
    Pump performance higher than 75 %;
    NPSH mx. 4 m.
   Material:
    Body: Gray iron;
    Work circuits: Gray iron;
    Suction filter: galvanized steel.
   Electric motor:
    400 V ± 5 %, 50 Hz;
    Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
   equivalent;
    The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 465 kg.
   During parallel operation of 2 pumps, the features must be as follows:
    Q min = 2 280 l/min;
    H min = 112 m.
   2. Electrical Controlling Rack:
   Controller of automatic regulation of the power factor (cos 
   controlller).
   The controller is to have high-level of safety, easy parameterization
   and safe output operation. Parameter setting option: capacitance
   coefficient, presentation of current, voltage, capacitance, etc.
    The change of the parameters is to be done via keyboard on the
   device.
    They must have a signalling light that shows which parameter is
   displayed on the screen and which outputs are in function.
    The display must have 3 digits.
    There must be an operation mode selection: manual or automatic.
   Technical characteristics:
    Operating voltage: 230/400 V;
    Operating frequency: 45-65 Hz;
    Insulation voltage: max. 690 V;
    Measuring range: 0 to 50 kVAp.
   Measurement errors:
    Voltage: ± 1,0 %;
    Current: ± 1,0 %;
    Capacitance coefficient: ± 1,0 %;
    Reactive energy: ± 2,0 %;
    Working temperature: - 10- + 55 °;
    Humidity: 30-60 %;
    Display: min. 3 digits.
   Condenser batteries for correction of the power factor.
    They are to be made in a cylindrical body with metal-propylene foil
   that does not need special impregnation, filled with special resin.
    The condenser battery is to be constructed in such a manner that in
   case of damaging (over voltage, current or temperature) the connection
   is interrupted on the upper lid where the power supply is connected. It
   must be made via a specially constructed valve installed immediately
   above the capacitance element.
    The bodies of the 3 phase condensers contain integrated resistors for
   their discharge.
    The condenser battery can be used for both passive and active
   compensation.
   Technical characteristics:
    Operating voltage: 440 V; 50 Hz;
    Insulation voltage: max. 690 V;
    Protection against over voltage: max. 6 kV/minute;
    Capacity max. 8 kVAr at 440 V;
    Tolerance: ± 5 %;
    Working temperature: -40 °C- + 55 °C;
    Losses: max. 0,5 W/kVAr;
    Integrated discharge resistance.
   3. Soft Starter:
    I mx. 35 , 83  (for 30 kW);
    Operating voltage from 208 to 690 V AC;
    Control of the initial moment;
    Number of relay outputs 250 VA C-5   3 pcs;
    Analogue output 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA programmable upon a choice
   Iamp, U volt, PkW, QkVar, cos .
   Protection:
    Electronic protection against overload;
    Double protection (1 during the start and 1 during the operation)
   against overload;
    Input for the RTS engine temperature probe;
    Protection against stuck rotor;
    Protection against underload;
    Protection against asymmetry or phase failure;
    Protection against very high current (8  I e);
    Warnings;
    High current;
    Low current;
    Overload;
    Overheating of thyristors;
    Initial voltage  programmable from 30 % to 70 %, initial time from
   1,30 sec;
    Turn off voltage  programmable from 30 % to 70 %, initial time of
   shutting off 0,30 sec.
   4. Flange Fittings made of Ductile Iron:
   The flange fittings must be certified for drinking water, made of
   ductile iron, in accordance with EN 545 or an equivalent, internally
   and externally the fittings must be coated with epoxy protective coat.
   The manufacturer must have the following certificates:
    GSK certificates or an equivalent;
    DVGW certificates or an equivalent.
   The flange fittings must be in accordance with the following standards:
    Specification and test methods: EN 545:ISO 2531 or an equivalent;
    The flanges must be made in accordance with: EN 1092-2 or an
   equivalent.
   5. Closing Valves (Flat/Oval):
   The closing valves must be in accordance with EN1074 (1-2) or an
   equivalent; ISO 7259 or an equivalent, the distance between the flanges
   must be in accordance with ISO 5752 or an equivalent, short version EN
   558-1 (F4)  series F14 or an equivalent, long version EN 558-1 (F5) 
   series F15 or an equivalent, the flange dimensions and drilling must be
   in accordance with EN 1092-2 or an equivalent, hydraulic test must be
   in accordance with EN 12266 or an equivalent; ISO 5208 or an
   equivalent, body and lid made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40) or an
   equivalent, internally and externally coated with epoxy protection min.
   250 microns  the manufacturer must own a GSK certificate for quality
   or an equivalent, cap made of ductile iron protected with vulcanized
   EPDM with integrated sliders decrease of friction, axis made of
   stainless steel (minimal quality degree 1.4021, i.e. 13 % cold rolled
   chrome), spindle sealed with a multiple O-ring system (min. 2) and a
   seal at the top of the spindle. Self-closing lid connection, without
   screws. Maintenance-free. Including stainless steel screws, nuts,
   washers and gaskets for flanges made of NBR. Hand valve wheel must be
   made of ductile iron, with anti-corrosive protective coating made of
   epoxy dust or an equivalent, with a washer, screw and nut made of
   stainless steel.
   6. Installation  Dismantling Element:
   Installation  dismantling element must contain 3 flanges in accordance
   with ISO 7005, EN1092 or an equivalent. The body must be made of
   stainless steel, EPDM seal, internal and external epoxy protection min.
   250  the manufacturer must own a GSK certificate for quality or an
   equivalent, including stainless steel screws, nuts, washers and seals
   approved for drinking water.
   7. Electromagnetic Flow Meter:
    Octagonal section of the sensor that enables installation of other
   elements right next to the meter, without affecting the accuracy of the
   measurement;
    The sensor must contain memory that stores the data from the
   transmitter;
    Nominal pressure: PN10 (Optional PN16);
    Flow meter connection: flange;
    Protection of the sensor and the cable (protection from complete
   submersion during the installation in the manhole) IP 68 or an
   equivalent;
    Internal coating of the sensor: Hard rubber intended for drinking
   water;
    Accuracy of the measurement: 0,4 %, optional 0,2 %;
    Display: 2 line LCD display;
    Transmitter protection: Protection against dust and water under all
   angles;
    IP 65 or an equivalent;
    External power supply of the transmitter: 220 VAC/50 Hz;
    2 way measurement;
    Temperature: - 200 ° to + 600 °;
    Output signals (outputs);
    Current output 4-20 m;
    2 separate output impulses;
    2 programmable alarm outputs;
    HART protocol;
    Communication with a computer via IR (infra red) connection for
   parameterization of the flow meter.
   8. Check Valve:
   The check valve must be in accordance with the following standards:
    Integrated length: ISO 5752 series 48 or an equivalent; EN 558-1
   series 48 or an equivalent;
    The flanges must be made in accordance with EN 1092-2 (ISO 7005-2) or
   an equivalent;
    Hydraulic test in accordance with EN 1074-3 or an equivalent;
   The check valve must be made of:
    Body and lid made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40);
    Disc made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40) protected with
   vulcanized EPDM;
    Axis made of stainless steel;
    Brass saddle;
    Internal and external epoxy protection min. 250 microns;
    The manufacturer must own a GSK certificate for quality or an
   equivalent.
   9. PLC Device for the Repumping Station:
   PLC for measurement, management and protection of motors and pumps, as
   well as Radio communication controlled by a SCADA main computer.
   10. Manhole Cover:
   Group 4 (Class D 400) in accordance with EN124 standard or an
   equivalent: Roads (including pedestrian zones), barriers and parking
   zones for all types of traffic vehicles. Normal traffic and occasional
   checks.
   Features:
    Automatic lock with a protector made of cast iron and a spring;
    Cover with hinge, can be opened min. 130 °, blocked at 90° during
   closing;
    Alterable cover with ventilation version;
    Optimized fitting frame;
    Option cover with an anti-theft protector (disables the 90° blocking
   function);
    Option locking system.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   State Appeals Commission for Public Procurement
   Bul. Ilinden 63A
   1000 Skopje
   FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
   Telephone: +389 2325125
   Internet address: [11]http://dkzjn.mk
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: The appeal
   shall be submitted within 8 days starting from the day of:
    Publication of the contract award notice with reference to the data,
   actions or failure to undertake actions related to the notice;
    Opening of the tenders reference to the data, actions or failure to
   undertake actions related to the tender documentation, that is, the
   tender opening procedure;
    Expiry of the time-frame for adoption of a decision for selection or
   cancellation of the procedure pursuant to Article 162 Paragraph 2 of
   the Public Procurement Law regarding the failure to make a decision for
   selection or cancellation of the procedure in the relevant time-frame;
    Receiving of the decision for selection of the most advantageous
   tender or the decision for cancellation of the procedure; or
    Findings about irregularities in the management of the contract award
   procedure, within 1 year at the latest starting from the day of the
   termination of the implemented procedure.
   8.3.3. The time-frame to lodge an appeal regarding the determining of
   the tenderers' capability and the overall evaluation of the initial
   tenders shall be counted from the date of receipt of the decision
   deciding on the individual right from the contract award procedure
   following the electronic auction completion.
   8.3.4. The economic operator that failed to lodge an appeal with
   respect to the provisions stipulated in sub-item 8.3.2, shall not have
   a right to an appeal in a later stage of the procedure for the same
   legal basis.
   8.3.5.The appeal should contain the following elements:
    Data on the submitter of the appeal (name, surname, name of the
   economic operator, address of residence and registered address);
    Data on the representative or the proxy;
    Name and registered address of the contracting authority;
    Number and date of the contract award procedure and data on the
   contract notice;
    Number and date of the decision for selection of the most
   advantageous tender, cancellation of the procedure or other decisions
   of the contracting authority;
    Data on the actions or failure to undertake actions by the
   contracting authority;
    Description of the factual situation;
    Description and explanation of the irregularities;
    Proposed evidence;
    Appeal and/or claim for compensation of procedure costs; and
    Signature and seal of an authorised person.
   9.3.6. The submitter of the appeal shall be obliged to submit a proof
   of payment of the fee for procedure implementation.
   8.3.7. The submitter of the appeal whose registered address is not on
   the territory of the Republic of Macedonia shall be obliged to
   determine a proxy to receive writs.
   8.3.8. The appeal shall be lodged with the State Appeals Commission.
   The appeal shall be submitted in person or by registered mail to both
   the contracting authority and the State Appeals Commission. The day
   when the appeal is sent by registered mail shall be deemed as the day
   when the appeal was submitted. In case the appeal is submitted in
   person, the contracting authority shall be obliged to issue a
   confirmation of the time of the receipt to the submitter.
   9.3.9. In the procedure before the State Appeals Commission, the
   appellant shall,in addition to the administrative fee, be liable to pay
   a fee for implementing the procedure depending on the amount of the
   tender, as follows:
    Up to 20 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 100 EUR in MKD
   counter-value,
    From 20 000 EUR to 100 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 200 EUR
   in MKD counter-value,
    From 100 000 EUR to 200 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 300
   EUR in MKD counter-value, or
    Over 200 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 400 EUR in MKD
   counter-value.
   8.3.10. In case when there is no tender, the amount of the fee for
   procedure implementation shall be calculated on the basis of the
   estimated value of the public procurement contract, and the State
   Appeals Commission shall in form the appellant about the amount of the
   fee and the deadline in which the appellant needs to submit proof for
   payment of the fee 8.3.11. The procedure implementation fee shall be
   revenue of the Budget of the Republic of Macedonia.
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   State Appeals Commission for Public Procurement
   Bul. Ilinden 63A
   1000 Skopje
   FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
   Telephone: +389 2325125
   Internet address: [12]http://dkzjn.mk
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Putzarbeiten - DE-Potsdam
Putzarbeiten
Wärmedämmarbeiten
Dokument Nr...: 4573-2016 (ID: 2016010809005541980)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  DE-Potsdam: Putzarbeiten
   2016/S 5/2016 4573
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Stadtwerke Potsdam GmbH
   Steinstraße 101
   Kontaktstelle(n): Abteilung Beschaffung
   Zu Händen von: Herrn Michael Schneider
   14480 Potsdam
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 3316611600
   E-Mail: [6]vergabe-sfb@swp-potsdam.de
   Fax: +49 3316611603
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [7]http://www.stadtwerke-potsdam.de
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://www.bi-medien.de/start
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: bi medien GmbH
   Postfach 3407
   24033 Kiel
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 4315359289
   E-Mail: [9]vu@bi-medien.de
   Fax: +49 4315359239
   Internet-Adresse: [10]http://www.bi-medien.de/start
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Stadtwerke
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Freizeit, Kultur und Religion
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Neubau des Sport- und Freizeitbades am Brauhausberg in der
   Landeshauptstadt Potsdam.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Potsdam, Am Brauhausberg 1.
   NUTS-Code DE423
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Ausführung von Wärmedämmverbundsystem mit verschiedenen Oberputzen,
   verschiedenen Außenputzen und Dämmschichten auf Außenwänden und 
   decken, teilweise gekrümmte Außenwände sowie Brüstungsmauern im
   Außenbereich.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45410000, 45321000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Ca. 1 310 m² WDVS Mineralwolle mit Silikonharzputz, ca. 2 810 m² WDVS
   Mineralwolle mit Edelkratzputz, ca. 1 030 m² WDVS Mineralwolle mit
   mineralischem Oberputz gefilzt, ca. 640 m² Außenputz auf
   Betonoberfläche.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Laufzeit in Monaten: 8 (ab Auftragsvergabe)
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Siehe Vergabeunterlagen, insbesondere Vertragserfüllungsbürgschaft in
   Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme und Gewährleistungsbürgschaft in
   Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungssumme einschließlich Nachträgen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Bietergemeinschaften sind zugelassen. Sie müssen gesamtschuldnerisch
   haften und einen bevollmächtigten
   Vertreter benennen. Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot eine von
   allen Mitgliedern unterzeichnete
   Erklärung (Bietergemeinschaftserklärung) abzugeben,
    in der alle Mitglieder mit Namen und Adressen benannt sind,
    in der ein bevollmächtigter Vertreter bezeichnet ist,
    wonach der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem
   Auftraggeber im Vergabeverfahren und
   für den Fall der Auftragserteilung bei der Vertragsdurchführung
   rechtsverbindlich vertritt,
    mit der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt
   wird,
    wonach alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: (1) Eigenerklärung über die Eintragung in das
   Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes.
   (2) Eigenerklärung darüber, ob ein Insolvenzverfahren oder ein
   vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die
   Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt
   wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde.
   (3) Eigenerklärung darüber, ob sich das Unternehmen in Liquidation
   befindet.
   (4) Eigenerklärung darüber, dass nachweislich keine schwere Verfehlung
   begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt.
   (5) Eigenerklärung darüber, dass die Verpflichtung zur Zahlung von
   Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
   Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde.
   (6) Eigenerklärung darüber, dass sich das Unternehmen bei der
   Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: (1) Eigenerklärung über den Umsatz des
   Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen
   Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft,
   die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss
   des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten
   Aufträgen.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   (1) Eigenerklärung über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
   Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte,
   gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen
   Leitungspersonal.
   (2) Eigenerklärung über die Ausführung von Leistungen aus den letzten 3
   abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung
   vergleichbar sind, jeweils mit Angaben zu:
    Ansprechpartner;
    Art der ausgeführten Leistung;
    Auftragssumme;
    Ausführungszeitraum;
    stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal
   ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges
   einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen;
    Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten
   Arbeitnehmer;
    stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und
   gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung)
   Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller
   Besonderheiten der Ausführung;
    Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal);
    Angabe zur vertraglichen Bindung
   (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer);
    ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
   wurden;
    Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der
   Leistung.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   Niedrigster Preis
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   VE05
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Vorinformation
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [11]2015/S 153-281632 vom 11.8.2015
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 12.2.2016 - 10:00
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 26 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: (1) Anforderung von Unterlagen in
   Papierform: VE05  Zahlungsweise: Banküberweisung,
   Lastschrifteinzugsermächtigung zu Gunsten der bi medien GmbH,
   Bankverbindung: Empfänger: bi medien GmbH, Konto-Nr.: 258951, BLZ:
   21290016, Geldinstitut:
   Volksbank Raiffeisenbank eG, IBAN: DE74212900160000258951, BIC:
   GENODEF1NMS, Verw.-zweck:
   Vergabeunterlagen D423518633. Bei fehlendem Verwendungszweck auf der
   Überweisung ist die Zahlung
   nicht zuordenbar und die Unterlagen können nicht versendet werden. Die
   Vergabeunterlagen werden nur
   bei Vorliegen des Nachweises über die Zahlung versendet. Das
   eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Zur Beachtung für Bieter aus
   dem Ausland: zzgl. Auslandspauschale in Höhe von 3,50 EUR.
   (2) Angaben zur Bereitstellung der Unterlagen in elektronischer Form:
   Siehe Ziffer VI.3) (6).
   (3) Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass bei der Übersendung der
   Vergabeunterlagen in Papierform, Pläne nicht in Papierform übermittelt
   werden, sondern digital mit Hilfe einer CD zur Verfügung gestellt
   werden.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   12.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 13.3.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 12.2.2016 - 10:00
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
   oder ihre bevollmächtigten Vertreter.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   (1) Das Angebot ist in zweifacher Ausführung (ein Original, eine Kopie)
   in einem verschlossenen und mit VE05 WDVS gekennzeichneten Umschlag
   bei der unter Ziffer I.1) genannten Kontaktstelle einzureichen.
   (2) Bei ausländischen Bietern genügen gleichwertige Bescheinigungen des
   Herkunftslandes. Dokumente in anderer Sprache sind beglaubigte
   Übersetzungen ins Deutsche beizufügen.
   (3) Für die Angebotsauswahl werden nur die geforderten Unterlagen
   berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
   (4) Die Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung der Regelungen des
   Brandenburgischen Gesetzes über
   Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
   (Brandenburgisches Vergabegesetz 
   BbgVergG) vom 21.09.2011.
   (5) Nachfragen werden nur beantwortet, wenn sie schriftlich  d.h. per
   Post, E-Mail oder Fax  bis spätestens
   zum 04.02.2016, bis 13:00 Uhr bei der unter Ziffer I.1) genannten
   Kontaktstelle gestellt werden. Eine
   Beantwortung gestellter Fragen erfolgt ebenfalls ausschließlich
   schriftlich. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.
   (6) Die Vergabeunterlagen stehen unter [12]www.bi-medien.de/start unter
   Angabe des bi-Ident-Codes D423518633 zum kostenfreien Download zur
   Verfügung.
   (7) Die Entscheidung über den Zuschlag steht unter dem Vorbehalt der
   Zustimmung der
   Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam zum
   Betrauungsakt.
   (8) Bei der Einreichung eines Angebotes in Papierformat wird um die
   zusätzliche Abgabe der Datei GAEB.d84 oder GAEB.X84 auf einer CD-ROM
   gebeten.
   (9) Der Nachweis der Eignung ist nach § 6 EG Abs. 3 Nr. 2 VOB/A zu
   führen. Dieser Nachweis
   kann mit der Eintragung in die Liste des Vereins für die
   Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
   (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst die Erklärungen und
   Angaben gemäß Ziffer III.2.1) (1)-
   (6), III.2.2) (1) und III.2.3) (1)-(2). Die Eintragung in ein
   gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten
   ist als Nachweis zugelassen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben
   zum Nachweis der Eignung mit
   dem Angebot das ausgefüllte Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur
   Eignung vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die
   im Formblatt VHB 124 Eigenerklärung zur Eignung angegebenen
   Bescheinigungen zuständiger Stellen innerhalb von 6 Kalendertagen nach
   gesondertem Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.
   (10) Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die
   Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist der Leistungsanteil, der an andere
   Unternehmen untervergeben werden soll, mit Angebotsabgabe zu benennen.
   Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen
   des Auftraggebers die anderen Unternehmen zu benennen. Für die anderen
   Unternehmen ist gleichzeitig die jeweilige Nummer im
   Präqualifikationsverzeichnis anzugeben oder ist gleichzeitig eine
   Eigenerklärung gemäß dem Formblatt
   VHB 124 Eigenerklärung zur Eignung (diese umfasst die Erklärungen und
   Angaben gemäß Ziffer III.2.1)
   (1)-(6), III.2.2) (1) und III.2.3) (1)-(2)) vorzulegen. Zusätzlich ist
   eine Verpflichtungserklärung des/der anderen Unternehmen(s)
   einzureichen.
   (11) Beruft sich der Bieter zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und
   finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß Ziffer III.2.2) sowie technischen
   Leistungsfähigkeit gemäß Ziffer III.2.3) auf die Fähigkeiten anderer
   Unternehmen, sind diese Unternehmen mit Angebotsabgabe zu benennen und
   ist für diese Unternehmen mit Angebotsabgabe der Nachweis der Eignung
   nach § 6 EG Abs. 3 Nr. 2 VOB/A zu führen. Dieser Nachweis kann mit der
   Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von
   Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst
   die Erklärungen und Angaben gemäß Ziffer III.2.1) (1)-(6), III.2.2) (1)
   und III.2.3) (1)-(2). Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis
   anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis zugelassen. Nicht
   präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem
   Angebot das ausgefüllte Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur
   Eignung vorzulegen. Zusätzlich ist mit Angebotsabgabe eine
   Verpflichtungserklärung des/der anderen Unternehmen(s) einzureichen.
   Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die im Formblatt VHB 124
   Eigenerklärung zur Eignung angegebenen Bescheinigungen zuständiger
   Stellen innerhalb von 6 Kalendertagen nach gesondertem Verlangen des
   Auftraggebers vorzulegen.
   (12) Jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft hat die geforderten
   Erklärungen und Nachweise bezüglich der Eignung gesondert vorzulegen.
   (13) Das Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur Eignung wird den
   Vergabeunterlagen beigefügt.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft
   und Europaangelegenheiten
   Heinrich-Mann-Allee 107
   14473 Potsdam
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 3318661610
   Fax: +49 3318661652
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Der
   Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens muss innerhalb von
   15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer
   Rüge nicht abhelfen zu wollen, eingereicht werden (vgl. § 107 Abs. 3
   Satz 1 Nr. 4 GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   6.1.2016
References
   6. mailto:vergabe-sfb@swp-potsdam.de?subject=TED
   7. http://www.stadtwerke-potsdam.de/
   8. http://www.bi-medien.de/start
   9. mailto:vu@bi-medien.de?subject=TED
  10. http://www.bi-medien.de/start
  11. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281632-2015:TEXT:DE:HTML
  12. http://www.bi-medien.de/start
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Straßenarbeiten - FR-Châteauroux
Straßenarbeiten
Dokument Nr...: 4673-2016 (ID: 2016010809013742070)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  FR-Châteauroux: Straßenarbeiten
   2016/S 5/2016 4673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Département de l'Indre
   place de la Victoire et des Alliés  CS 20639
   36020 Châteauroux
   FRANKREICH
   E-Mail: [4]paujard@indre.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45233140
   Beschreibung
   Straßenarbeiten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Entreprise SEGEC
   70 avenue Aristide Briand
   36400 La Châtre
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 159 600 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
   4. mailto:paujard@indre.fr?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Attribution de marché sans publication préalable
   France-Châteauroux: Travaux routiers
   2016/S 005-004673
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Département de l'Indre
   place de la Victoire et des Alliés  CS 20639
   36020 Châteauroux
   FRANCE
   E-mail: [6]paujard@indre.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   RD 920  RD 40 aménagement d'un carrefour giratoire sur la rocade de
   Châteauroux  travaux de libération des emprises.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   RD 920  RD 40 aménagement d'un carrefour giratoire sur la rocade de
   Châteauroux  travaux de libération des emprises.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45233140
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
   au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
   section 2 de lannexe D1)
   Justification de lattribution du marché sans publication préalable
   dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
   Directive 2004/18/CE
   1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE
   Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix des prestations. Pondération 80
   2. Valeur technique de l'offre. Pondération 20
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Section V: Attribution du marché
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Entreprise SEGEC
   70 avenue Aristide Briand
   36400 La Châtre
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 159 600 EUR
   TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   1 cours Vergniaud
   Limoges
   Téléphone: +33 555339155
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours:  Référé
   pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du code de
   justice administrative français)
    Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de
   l'avis d'attribution (R 551-7 du code de justice administrative)
    Référé suspension dans les 2 mois à compter de leur publication
   contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du code de
   justice administrative).
    Recours pour excès de pouvoir dans les 2 mois à compter de la
   notification ou de la publication de la décision administrative
   concernée (article r.421-1 du code de justice administrative).
    Recours de plein contentieux dans les 2 mois à compter de
   l'accomplissement des mesures de publicité appropriées; dès la
   signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à
   déposer un recours pour excès de pouvoir
    Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur,
   dans le délai de déchéance quadriennale.
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Künstliche Gelenke - LT-Wilna
Künstliche Gelenke
Dokument Nr...: 473-2016 (ID: 2016010209294637761)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  LT-Wilna: Künstliche Gelenke
   2016/S 1/2016 473
   Vereinfachte Auftragsbekanntmachung im Rahmen eines dynamischen
   Beschaffungssystems
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   V Respublikin Vilniaus universitetin ligonin
   124243848
   iltnami g. 29
   Zu Händen von: Donata Abialait-Kaniauskien
   LT-04130 Vilnius
   LITAUEN
   Telefon: +370 52361165
   E-Mail: [4]d.abisalaite@gmail.com
   Fax: +370 52168984
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]https://www.rvul.lt
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33141750
   Beschreibung
   Künstliche Gelenke .
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.3)Schlusstermin für die Einreichung unverbindlicher Angebote für
   den spezifischen Auftrag
   20.1.2016 - 10:00
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) die Angebote abgefasst sein können
   Litauisch.
References
   4. mailto:d.abisalaite@gmail.com?subject=TED
   5. https://www.rvul.lt/
   6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   8. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 02/01/2016    S1    - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
   Atviras konkursas
   Lietuva-Vilnius: Dirbtiniai snariai
   2016/S 001-000473
   Supaprastintas skelbimas apie pirkim taikant dinamin pirkimo sistem
   iam skelbimui taikoma: Direktyva 2004/18/EB
   I dalis: Perkanioji organizacija ar perkantysis subjektas
   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
   V Respublikin Vilniaus universitetin ligonin
   124243848
   iltnami g. 29
   Kam: Donata Abialait-Kaniauskien
   LT-04130 Vilnius
   LIETUVA
   Telefonas: +370 52361165
   El. patas: [5]d.abisalaite@gmail.com
   Faksas: +370 52168984
   Interneto adresas(-ai):
   Pagrindinis perkaniosios organizacijos ar perkaniojo subjekto
   adresas: [6]https://www.rvul.lt
   Pirkjo profilio adresas: [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronin prieiga prie informacijos:
   [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
   teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
   staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
   I.3)Pagrindin veikla
   Sveikata
   I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij ar perkanij
   subjekt vardu
   Perkanioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kit
   perkanij organizacij ar perkanij subjekt vardu: ne
   II dalis: Sutarties objektas
   II.1)Pavadinimas, kur perkanioji organizacija ar perkantysis
   subjektas suteik sutariai:
   8 kvietimas  Individuali endoprotez pirkimas, taikant Dinamin
   pirkimo sistem.
   II.2)Sutarties tipas
   Preks
   II.3)Trumpas konkreios sutarties apraymas:
   Dinamins pirkimo sistemos (toliau  DPS) pagalba siekiama esant
   poreikiui DPS galiojimo laikotarpiu vykdyti konkreius pirkimus
   naudojantis DPS ir su konkrei pirkim laimtojais sudaryti pirkimo
   sutartis dl individuali endoprotez tiekimo.  DPS priimami visi
   tiekjai, kuri orientaciniai pasilymai yra pripainti tinkamais
   pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.
   II.4)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   33141750
   II.5)Kiekis ar konkreios sutarties apimtis:
   Preki kiekiai priklausys nuo perkanij organizacij poreikio sigyti
   tiekj silomas prekes. Dinamins pirkim sistemos metu planuojama
   pirkim vert 1 600 000 LTL (be PVM).
   IV dalis: Procedra
   IV.1)Procedros tipas
   IV.1.1)Procedros tipasAtvira procedra
   IV.2)Administracin informacija
   IV.2.1)Perkaniosios organizacijos ar perkaniojo subjekto priskirtas
   bylos numeris:
   153982
   IV.2.2)Ankstesnis skelbimas (skelbimas apie pirkim), kuriame
   pateikiama daugiau informacijos apie dinamin pirkimo sistem
   Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [10]2014/S
   142-254538 26.7.2014
   IV.2.3)Orientacini pasilym dl konkreios sutarties pateikimo
   terminas
   20.1.2016 - 10:00
   IV.2.4)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai
   lietuvi kalba.
   VI dalis: Papildoma informacija
   VI.1)Papildoma informacija:
   VI.2)io skelbimo isiuntimo data:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DK-Kopenhagen
Arzneimittel
Dokument Nr...: 4773-2016 (ID: 2016010809021842176)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  DK-Kopenhagen: Arzneimittel
   2016/S 5/2016 4773
   Amgros I/S, Dampfærgevej 22, Zu Händen von: Flemming Sonne, København Ø
   2100, DÄNEMARK. Telefon: +45 88713000. Fax: +45 88713008. E-Mail:
   udbud@amgros.dk
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
   248-451276)
   Betr.:
   CPV:33600000
   Arzneimittel
   Anstatt:
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
   Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
   Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
   muss es heißen:
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
   Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
   Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
   Udbudsnr.: 14, ATC Kode: L04AA33, Generisk navn: Vedolizumab,
   Dispenseringsform: Infusionsvæske, Styrke: 300 mg, Enhedsværdi: 5,4 mg,
   Mængde i enheder: 52 500.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451276-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 08/01/2016    S5    - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt
   udbud
   Danmark-København: Lægemidler
   2016/S 005-004773
   Amgros I/S, Dampfærgevej 22, Att: Flemming Sonne, København Ø 2100,
   DANMARK. Telefon: +45 88713000. Fax: +45 88713008. Mailadresse:
   udbud@amgros.dk
   (Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 23.12.2015, [1]2015/S
   248-451276)
   Vedr:
   CPV:33600000
   Lægemidler
   I stedet for:
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
   Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
   Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
   Læses:
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
   Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
   Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
   Udbudsnr.: 14, ATC Kode: L04AA33, Generisk navn: Vedolizumab,
   Dispenseringsform: Infusionsvæske, Styrke: 300 mg, Enhedsværdi: 5,4 mg,
   Mængde i enheder: 52 500.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektroartikel - FR-Talence
Elektroartikel
Sanitäreinrichtungen
Metallwaren
Dokument Nr...: 4873-2016 (ID: 2016010809030442269)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  FR-Talence: Elektroartikel
   2016/S 5/2016 4873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Université de Bordeaux
   351 cours de la Libératon, CS 1004
   Zu Händen von: Mme Hamalit, Université de Bordeaux
   33405 Talence
   FRANKREICH
   Telefon: +33 540006039
   E-Mail: [4]achats@u-bordeaux.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.u-bordeaux.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://marches-publics.gouv.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   31681410, 39715300, 44316400
   Beschreibung
   Elektroartikel.
   Sanitäreinrichtungen.
   Metallwaren.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 1 Cuivre nuCâble industriel RO2VCâble
   Industriel souple HO7 RNF Fils de câblage
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Rexel
   3 rue Georges Barres
   33000 Bordeaux
   FRANKREICH
   E-Mail: [7]bordeaux@rexel.fr
   Telefon: +33 556692222
   Fax: +33 556692229
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 459,25 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 4
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 2 Incandescence domestique et halogène
   Tubes fluo et lampes fluo-compactesLampes halogènes dichroïques +
   capsulesLampes à ledAppliques projecteurs, réglettes, spot, tous
   luminaires, architecturalLampes à déchargeLampes basse consommation.
   Lampes pour voyants et témoins Piles et accus domestiques
   rechargeablesBAES (bloc secours)
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Auschitzky SA
   4 rue de Fieusal, BP 63
   33523 Bruges
   FRANKREICH
   E-Mail: [8]auschitzky.elec@auschitzky.fr
   Telefon: +033 556439696
   Fax: +033 556439699
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 42 415,15 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 4
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 3 Colliers et attaches, rallonge, fiches,
   multiprises, enrouleursConvecteurs tous types.Coffrets plastiques,
   boitier industrielCoffrets étanches Polyester IP 66Armoires tôles,
   métal et inoxAccessoire de câblage, Peignes, jdb, bornier, plastron,
   barette de connexionAppareillage, socle prises, interrupteur, prises,
   poussoir, vv, transfo de sécuritéDisjoncteurs, modulaire, compact,
   interrupteur de puissanceDifférentiel modulaire, compactTélécommandes,
   programmation, inter horaire, télérupteur, compteur,
   détectionContacteurs et auxilliaires, contact sd, déclencheur, MN /
   MXDivers bâtiment: prise industrielle P17, coffret de chantier, prises
   Hypra, presse étoupe, conduit flexibleChemin de câbles aciers, dalle,
   éclisse, couvercle, virage, visserie, accessoiresGoulottes, moulures,
   plinthe, accessoires, coudes, embouts
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Rexel
   3 rue Georges Barres
   33000 Bordeaux
   FRANKREICH
   E-Mail: [9]bordeaux@rexel.fr
   Telefon: +33 556692222
   Fax: +33 556692229
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 33 993,43 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 4
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 4 BainsWCCuisine / LaboratoireAccessoires
   salles de bainsFixations Appareils de collectivitésPièces
   détachéesChauffe-eau et chauffe-bains. Canalisation cuivreCanalisation
   PVCRaccords raccordementRobinetterie bâtiment /
   vannesFixationsOutillage spécifiqueÉquipement protection
   individuelleSoudageDroguerie
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lot infructueux
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 5 ClimatisationChaudières murales
   gazBallons production eau chaudeRadiateursRobinetterie
   radiateurÉquipement de chaufferie
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lot infructueux
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 6 Clef à molettesGantsLunettes et
   casquesProtection auriculaireMasques respiratoiresHarnais,
   antichuteSécurisation (marquage et délimitation, panneaux et trousses
   de secours) Outillage à mainRangement d'outillageÉquipement d'atelier,
   rangement, manutentionLames de scie / scie sauteuse / scie
   circulaireTrépans et forêt TCEDisques à tronçonnerEmbout visseuse
   /Porte embout magnétique/Coffret d'embout visseuseAbrasifs bois /
   métauxAgrafeuses et agrafesCutters, lame et araseurs, ciseaux, emporte
   pièceOutil de mesure  Mètre  niveau traçage  Marquage et
   signalisation (ex: bombes aérosol)Éclairage de chantier
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Wurth France
   ZI Ouest, rue Georges Besse
   67158 Erstein
   FRANKREICH
   E-Mail: [10]stephanie.weber@wurth.fr
   Telefon: +33 388645443
   Fax: +33 388646257
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 273,15 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 4
References
   4. mailto:achats@u-bordeaux.fr?subject=TED
   5. http://www.u-bordeaux.fr/
   6. http://marches-publics.gouv.fr/
   7. mailto:bordeaux@rexel.fr?subject=TED
   8. mailto:auschitzky.elec@auschitzky.fr?subject=TED
   9. mailto:bordeaux@rexel.fr?subject=TED
  10. mailto:stephanie.weber@wurth.fr?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Talence: Matériels électriques
   2016/S 005-004873
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Université de Bordeaux
   351 cours de la Libératon, CS 1004
   À l'attention de: Mme Hamalit, Université de Bordeaux
   33405 Talence
   FRANCE
   Téléphone: +33 540006039
   E-mail: [6]achats@u-bordeaux.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.u-bordeaux.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://marches-publics.gouv.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture de matériels électriques, de plomberie et d'outillage à
   l'université de Bordeaux (6 lots).
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS FR612
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Le marché comprend 6 lots traités en marchés séparés, à bons de
   commande mono attributaires.
   Les montants annuels minimum et maximum sont les suivants:
    lot 1: Électricité  câblage:
   Montant minimum/an: 10 000 EUR HT  montant maximum/an: 150 000 EUR HT.
    lot 2: Électricité  éclairage:
   Montant minimum/an: 10 000 EUR HT  montant maximum/an: 200 000 EUR HT.
    lot 3: : Électricité  appareillage:
   Montant minimum/an: 10 000 EUR HT  montant maximum/an: 200 000 EUR HT.
    lot 4: Plomberie- sanitaire:
   Montant minimum/an: 30 000 EUR HT  montant maximum/an: 100 000 EUR HT.
    lot 5: Plomberie  CVC:
   Montant minimum/an: 10 000 EUR HT  montant maximum/an: 50 000 EUR HT.
    lot 6: Outillage  consommable:
   Montant minimum/an: 5 000 EUR HT  montant maximum/an: 80 000 EUR HT.
   Le CCTP décrit de manière détaillée les familles de produits
   correspondant à chacun des lots.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   31681410, 39715300, 44316400
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 50
   2. Valeur technique (mémoire). Pondération 40
   3. Délais de livraison. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015-033
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 124-226923 du 1.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 1 - Intitulé: Les familles de produits
   sont: Câblage courant faibleCuivre nuCâble industriel RO2VCâble
   Industriel souple HO7 RNF Fils de câblage
   V.1)Date d'attribution du marché:
   17.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Rexel
   3 rue Georges Barres
   33000 Bordeaux
   FRANCE
   E-mail: [10]bordeaux@rexel.fr
   Téléphone: +33 556692222
   Fax: +33 556692229
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 7 459,25 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 4
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 2 - Intitulé: Les familles de produits
   sont:Incandescence domestique et halogène Tubes fluo et lampes
   fluo-compactesLampes halogènes dichroïques + capsulesLampes à
   ledAppliques projecteurs, réglettes, spot, tous luminaires,
   architecturalLampes à déchargeLampes basse consommation. Lampes pour
   voyants et témoins Piles et accus domestiques rechargeablesBAES (bloc
   secours)
   V.1)Date d'attribution du marché:
   17.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Auschitzky SA
   4 rue de Fieusal, BP 63
   33523 Bruges
   FRANCE
   E-mail: [11]auschitzky.elec@auschitzky.fr
   Téléphone: +033 556439696
   Fax: +033 556439699
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 42 415,15 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 4
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 3 - Intitulé: Les familles de produits
   sont:Colliers et attaches, rallonge, fiches, multiprises,
   enrouleursConvecteurs tous types.Coffrets plastiques, boitier
   industrielCoffrets étanches Polyester IP 66Armoires tôles, métal et
   inoxAccessoire de câblage, Peignes, jdb, bornier, plastron, barette de
   connexionAppareillage, socle prises, interrupteur, prises, poussoir,
   vv, transfo de sécuritéDisjoncteurs, modulaire, compact, interrupteur
   de puissanceDifférentiel modulaire, compactTélécommandes,
   programmation, inter horaire, télérupteur, compteur,
   détectionContacteurs et auxilliaires, contact sd, déclencheur, MN /
   MXDivers bâtiment: prise industrielle P17, coffret de chantier, prises
   Hypra, presse étoupe, conduit flexibleChemin de câbles aciers, dalle,
   éclisse, couvercle, virage, visserie, accessoiresGoulottes, moulures,
   plinthe, accessoires, coudes, embouts
   V.1)Date d'attribution du marché:
   17.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Rexel
   3 rue Georges Barres
   33000 Bordeaux
   FRANCE
   E-mail: [12]bordeaux@rexel.fr
   Téléphone: +33 556692222
   Fax: +33 556692229
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 33 993,43 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 4
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 4 - Intitulé: Les familles de produits
   sont: Lavabos  vasques  lave  mains Douches et cabinesBainsWCCuisine
   / LaboratoireAccessoires salles de bainsFixations Appareils de
   collectivitésPièces détachéesChauffe-eau et chauffe-bains. Canalisation
   cuivreCanalisation PVCRaccords raccordementRobinetterie bâtiment /
   vannesFixationsOutillage spécifiqueÉquipement protection
   individuelleSoudageDroguerie
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Lot infructueux
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 5 - Intitulé: Les familles de produits
   sont: Énergies électriquesClimatisationChaudières murales gazBallons
   production eau chaudeRadiateursRobinetterie radiateurÉquipement de
   chaufferie
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 0
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Lot infructueux
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 2015-033 Lot nº: 6 - Intitulé: Les familles de produits
   sont: PincesClef à molettesGantsLunettes et casquesProtection
   auriculaireMasques respiratoiresHarnais, antichuteSécurisation
   (marquage et délimitation, panneaux et trousses de secours) Outillage à
   mainRangement d'outillageÉquipement d'atelier, rangement,
   manutentionLames de scie / scie sauteuse / scie circulaireTrépans et
   forêt TCEDisques à tronçonnerEmbout visseuse /Porte embout
   magnétique/Coffret d'embout visseuseAbrasifs bois / métauxAgrafeuses et
   agrafesCutters, lame et araseurs, ciseaux, emporte pièceOutil de mesure
    Mètre  niveau traçage  Marquage et signalisation (ex: bombes
   aérosol)Éclairage de chantier
   V.1)Date d'attribution du marché:
   23.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Wurth France
   ZI Ouest, rue Georges Besse
   67158 Erstein
   FRANCE
   E-mail: [13]stephanie.weber@wurth.fr
   Téléphone: +33 388645443
   Fax: +33 388646257
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Estimation initiale du montant du marché:
   Valeur: 27 273,15 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 4
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
   Annonce n° 15-97069, mise en ligne le 29.6.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bordeaux
   9 rue Tastet
   33000 Bordeaux
   Téléphone: +33 556993800
   Fax: +33 556243903
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Toute
   décision pourra faire l'objet d'un recours: -recours administratif
   auprès du président de l'université dans les 2 mois qui suivent la
   notification de la décision contestée,  référé pré contractuel exercé
   depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la conclusion du
   contrat conformément aux dispositions des articles L551-1 à L551-12 et
   R551-1 à R 551-6 du code de justice administrative,  référé
   contractuel exercé après la conclusion du contrat conformément aux
   dispositions des articles L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du code
   de justice administrative,  recours pour excès de pouvoir, assorti ou
   non d'un référé suspension, contre un acte détachable du contrat, dans
   un délai de 2 mois à compter de la publicité de cet acte,  recours de
   plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification
   de la décision faisant grief (articles R421-1 à R421-7 du code de
   justice administrative),  recours de plein contentieux, assorti ou non
   d'un référé suspension, contre le contrat dans un délai de 2 mois à
   compter de la publicité de sa date de signature.
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Brotwaren - FR-Ivry-sur-Seine
Brotwaren
Sandwiches
Tiefkühlprodukte
Dokument Nr...: 4973-2016 (ID: 2016010809034442358)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  FR-Ivry-sur-Seine: Brotwaren
   2016/S 5/2016 4973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Établissement français du sang
   42 88 22 852 01811
   122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park  bâtiment B
   Kontaktstelle(n): Service juridique
   94200 Ivry-sur-Seine
   FRANKREICH
   E-Mail: [4]marches-publics.idf@efs.sante.fr
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15811000, 15811510, 15896000
   Beschreibung
   Brotwaren.
   Sandwiches.
   Tiefkühlprodukte.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 19A15188-01 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Touflet France Pain
   121-125 rue Danielle Casanova
   93200 Saint-Denis
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 88 789,07 EUR
   Auftrags-Nr: 19A15188-02 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Kiosque à Sandwiches
   1 rue de l'Avenir
   91350 Grigny
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 121 911,96 EUR
   Auftrags-Nr: 19A15188-03 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Brake France Service
   Les jardins d'Eole  bâtiment le levant  4 allée des Séquoias
   69760 Limonest
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 10 727,10 EUR
References
   4. mailto:marches-publics.idf@efs.sante.fr?subject=TED
   5. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
OT: 08/01/2016    S5    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Ivry-sur-Seine: Produits de panification
   2016/S 005-004973
   Avis dattribution de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Établissement français du sang
   42 88 22 852 01811
   122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park  bâtiment B
   Point(s) de contact: Service juridique
   94200 Ivry-sur-Seine
   FRANCE
   E-mail: [6]marches-publics.idf@efs.sante.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Santé
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Fourniture de produits alimentaires destinés à la restauration des
   donneurs de sang de l'EFS IDF.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Les sites de l'EFS IDF, listés à l'annexe 1
   du CCTP
   Code NUTS FR10
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   La présente consultation a pour objet l approvisionnement de l'EFS
   Ile-de-France en produits alimentaires destinés à la restauration des
   donneurs de sang.
   La présente consultation est allotie en 3 lots:
   Lot 01: pains et viennoiserie (fraiches),
   Lot 02: produits laitiers et sandwiches,
   Lot 03: surgelés
   La présente consultation se compose de 3 lots, chaque lot donnant lieu
   à un marché, conformément aux dispositions de l'article 10 du code des
   marchés publics.
   Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, à compter de sa
   notification.
   Le marché pourra être reconduit 3 fois pour une période de 12 mois
   selon les dispositions de l'article 4 du cahier des clauses
   administratives Particulières.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   15811000, 15811510, 15896000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 60
   2. Valeur technique. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015EFS-IDFR251
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 157-288410 du 15.8.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 19A15188-01 Lot nº: 1 - Intitulé: Le présent lot a pour
   objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en pains et
   viennoiseries fraiches
   V.1)Date d'attribution du marché:
   23.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Touflet France Pain
   121-125 rue Danielle Casanova
   93200 Saint-Denis
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 88 789,07 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 19A15188-02 Lot nº: 2 - Intitulé: Le présent lot a pour
   objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en produits laitiers
   et sandwiches
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 5
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Kiosque à Sandwiches
   1 rue de l'Avenir
   91350 Grigny
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 121 911,96 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: 19A15188-03 Lot nº: 3 - Intitulé: La présente consultation a
   pour objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en surgelés
   V.1)Date d'attribution du marché:
   4.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Brake France Service
   Les jardins d'Eole  bâtiment le levant  4 allée des Séquoias
   69760 Limonest
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 10 727,10 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Le marché a été conclu le 4.1.2016.
   Les modalités de consultation du marché, dans le respect des principes
   posés par la loi nº 78-753 du 17.7.1978, sont les suivantes: toute
   demande de consultation doit être adressée à la commission d'accès aux
   documents administratifs, 35 rue Saint-Dominique, 75700 Paris 07 SP
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce nº 15-125758, mise en ligne le 12.8.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Melun
   43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
   77008 Melun Cedex
   Adresse internet: [9]http://www.ta-melun.juradm.fr/ta/melun/
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Établissement Français du Sang Ile-de-France service juridique
   122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park  bâtiment B
   94200 Ivry-sur-Seine
   E-mail: [10]marches-publics.idf@efs.sante.fr
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenbankdienste - PL-Warschau
Datenbankdienste
Dokument Nr...: 5073-2016 (ID: 2016010809042742455)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  PL-Warschau: Datenbankdienste
   2016/S 5/2016 5073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
   Matematycznego i Komputerowego
   ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, ul. Prosta 69
   Zu Händen von: Piotr Kmiec
   00-927, 00-838 Warszawa
   POLEN
   Telefon: +48 224626312
   E-Mail: [4]zp@icm.edu.pl
   Fax: +48 224626338
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.icm.edu.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   72320000
   Beschreibung
   Datenbankdienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 459 310 USD
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Akme Archive Sp. z o.o.
   ul. Niemcewicza 26/17
   02-306 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 817 995 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 459 310 USD
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 1
References
   4. mailto:zp@icm.edu.pl?subject=TED
   5. http://www.icm.edu.pl/
OT: 08/01/2016    S5    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Polska-Warszawa: Usugi bazy danych
   2016/S 005-005073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
   Matematycznego i Komputerowego
   ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, ul. Prosta 69
   Osoba do kontaktów: Piotr Kmiec
   00-927, 00-838 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224626312
   E-mail: [6]zp@icm.edu.pl
   Faks: +48 224626338
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.icm.edu.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: uczelnia publiczna
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Edukacja
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   ICM-361-46/2015/WR zakup dostpu do bazy danych KNOVEL w roku 2016 dla
   konsorcjum akademickiego.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Kod NUTS PL127
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Baza KNOVEL jest udostpniana on-line z serwera producenta i zawiera
   ponad 4.500 podrczników, ksiek, baz danych, wydawnictw technicznych
   i materiaów konferencyjnych pochodzcych od ponad 100 stowarzysze
   naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inynierii
   i nauk materiaowych. Baza jest podzielona na 32 kolekcje tematyczne
   oraz 6 zasobów tzw. Premium, które s udostpniane on-line na zasadzie
   rocznych subskrypcji.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   72320000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 459 310 USD
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
   o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
   Dyrektywa 2004/18/WE
   1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
   publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
   dyrektywy 2004/18/WE
   Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
   tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
   technicznych,
   zwizanych z ochron wycznych praw
   Zakup usugi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z
   przyczyn zwizanych z ochron praw wycznych moliwy jest u jedynego
   dostawcy  wycznego dystrybutora dostpu do bazy danych KNOVEL
   LIBRARY na Polsk.
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   ICM-361-46/2015/WR
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   31.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Akme Archive Sp. z o.o.
   ul. Niemcewicza 26/17
   02-306 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 817 995 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 459 310 USD
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 1
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Urzd Zamówie Publicznych
   Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587701
   Adres internetowy: [8]http://uzp.gov.pl
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Krajowa Izba Odwoawcza przy Prezesie UZP
   Postpu 17A
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Navigationsinstrumente - FR-Brest
Navigationsinstrumente
Dokument Nr...: 5173-2016 (ID: 2016010809055442549)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  FR-Brest: Navigationsinstrumente
   2016/S 5/2016 5173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
   Sicherheit
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2009/81/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Marine/DCSSF/ DSSF Brest
   BCRM Brest  DSSF Brest secrétariat des offres  SDFC/DOMA  CC45
   Kontaktstelle(n): Secrétariat des offres
   Zu Händen von: M. le directeur du service de soutien de la flotte de
   Brest
   29240 Brest Cedex 9
   FRANKREICH
   Telefon: +33 298140686
   E-Mail: [4]cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com
   Fax: +33 298222998
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   38110000
   Beschreibung
   Navigationsinstrumente .
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 262 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Tripartite Propulsion
   1 rue Louis Blériot  Zone Kerhascoët
   29700 Pluguffan
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 198 035,10 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
   Procédure restreinte
   France-Brest: Instruments de navigation
   2016/S 005-005173
   Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
   défense et de la sécurité
   Fournitures
   Directive 2009/81/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Marine/DCSSF/ DSSF Brest
   BCRM Brest  DSSF Brest secrétariat des offres  SDFC/DOMA  CC45
   Point(s) de contact: Secrétariat des offres
   À l'attention de: M. le directeur du service de soutien de la flotte de
   Brest
   29240 Brest Cedex 9
   FRANCE
   Téléphone: +33 298140686
   E-mail: [6]cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com
   Fax: +33 298222998
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Approvisionnement de matériel de radionavigation de marques diverses ou
   équivalentes au profit des bâtiments de la Marine Nationale.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Code NUTS FR522
   II.1.3)Information sur laccord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions:
   Le présent projet de marché est soumis à la procédure de l'appel
   d'offres restreint conformément aux dispositions des articles 201-i 2°,
   33 et 238 à 242 du code des marchés publics.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   38110000
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   Restreinte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Prix. Pondération 90
   2. Délai. Pondération 10
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   DSSFBconsult21378
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 083-147589 du 29.4.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 262 Lot nº: 1 - Intitulé: Lot unique  approvisionnement de
   matériel de radionavigation de marques diverses
   V.1)Date d'attribution du marché:
   29.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 06
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Tripartite Propulsion
   1 rue Louis Blériot  Zone Kerhascoët
   29700 Pluguffan
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 198 035,10 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Rennes
   Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte
   35044 Rennes Cedex
   E-mail: [8]greffe.ta-rennes@juradm.fr
   Téléphone: +33 10299250366
   Adresse internet: [9]http://www.justice.gouv.fr
   Fax: +33 10299635684
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Voies et
   délais de recours:
    référé contractuel (article L 551-13 du CJA) dans un délai de 31
   jours à compter de la publication du présent avis d'attribution;
    recours en contestation de validité du contrat (recours de pleine
   juridiction prévu par la décision du Conseil d'État du 16.7.2007,
   société Tropic travaux signalisation, n° 291545) par tout candidat
   évincé, assorti, le cas échéant de conclusions indemnitaires, dans un
   délai de 2 mois à compter de la publicité de la conclusion du marché;
    recours indemnitaire (article R421-1 et suivants du CJA), dans les 2
   mois à compter d'une décision expresse, ou sans délai pour une décision
   implicite, rejetant une demande préalable, et sous réserve des
   dispositions relatives à la prescription quadriennale);
   Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
   greffe du tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 contour
   de la Motte, 35044 Rennes Cedex (tél. 299250366  fax 299635684 
   courriel: [10]greffe.ta-rennes@juradm.fr  adresse internet (URL):
   [11]www.justice.gouv.fr
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-München
Gebäudereinigung
Fensterreinigung
Dokument Nr...: 5273-2016 (ID: 2016010809065242635)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  DE-München: Gebäudereinigung
   2016/S 5/2016 5273
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Arbeitsgericht München
   Winzererstr. 106
   Zu Händen von: Herrn Franz Kraska
   80797 München
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8930619255
   E-Mail: [6]Haushalt@arbg-m.bayern.de
   Fax: +49 8930619388
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Sonstige: Rechtsprechung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Innenglasreinigung,
   Terrassen- und Innenhofreinigung, Mattenservice im Arbeitsgericht
   München.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Dienstleistungen
   Dienstleistungskategorie Nr 14: Gebäudereinigung und Hausverwaltung
   NUTS-Code DE212
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Innenglasreinigung,
   Terrassen- und Innenhofreinigung, Mattenservice.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90911200, 90911300
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Unterhaltsreinigung: Ca. 6 900 m² Reinigungsfläche; Glas- und
   Rahmenreinigung: Ca. 975 m² Reinigungsfläche; Innenglasreinigung: Ca.
   185 m² Reinigungsfläche; Terrassen- und Innenhofreinigung: Ca. 775 m²
   Reinigungsfläche; Mattenservice: Saugen und Reingen von 3 Matten im
   Gerichtsgebäude.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen: Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der
   Auftraggeber als Option den Vertrag jeweils um ein Jahr verlängern. Der
   Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Ausübung der Verlängerungsoption
   spätestens 6 Monate vor Vertragsende schriftlich mitzuteilen.
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 1.7.2016. Abschluss 30.6.2021
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Siehe Vergabeunterlagen.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Beliebige Rechtsform, sofern gesamtschuldnerische Haftung und ein
   Mitglied der Bietergemeinschaft als bevollmächtigter Vertreter genannt
   wird. Die Mitglieder einer Bietergemeinschaft können nicht gleichzeitig
   als einzelne Bieter am Vergabeverfahren teilnehmen.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: 1. Erklärung,dass sich das Unternehmen nicht in
   Liquidation befindet und kein Insolvenzverfahren anhängig ist.
   2. Erklärung, dass er seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern u.
   Abgaben sowie Sozialversicherungsbeiträgen erfüllt hat.
   3. Erklärung über Straf- und Bußgeldverfahren nach § 21 AEntG.
   4. Erklärung, dass er ordnungsgemäß ins Berufs- oder Handelsregister
   nach Maßgabe der Rechtsvorschrift des Landes eingetragen ist.
   5. Erklärung, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von
   Korruption ergriffen werden, hierbei keine strafbaren Handlungen
   begangen werden, Mitarbeitern des Auftraggebers keine Zuwendungen oder
   andere Vorteile angeboten werden und Dritte nicht zu vorgenannten
   Handlungen angestiftet werden(Antikorruptionserklärung).
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: 1. Erklärung zu Betriebshaftpflichtversicherung
   mit Deckungssummen:
   2 500 000 EUR für Personenschäden; Sach-/Umwelt- und Vermögensschäden;
   500 000 EUR für Allmählichkeits-, Obhuts- und Bearbeitungsschäden;
   100 000 EUR für Schlüsselverluste.
   2. Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre soweit er vergleichbare
   Leistungen betrifft.
   3. Angabe der Mitarbeiterzahl der letzten 3 Geschäftsjahre.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   1. Angabe von mind. 3 Referenzen vergleichbarer Aufträge mit
   Ansprechpartner seitens des jeweiligen Auftraggebers, Art der
   Dienstleistung, Auftragszeitraum, Auftragsvolumen.
   2. Darstellung des unternehmensweit eingesetzten
   Qualitätsmanagementsystems.
   3. Darstellung des unternehmensweit eingesetzten
   Umweltmanagementsystems.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
   vorbehalten: nein
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
   Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
   Dienstleistung verantwortlich sind: ja
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
   Dialog aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   D III 1/2/15
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   1.3.2016 - 12:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 15.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Objektbesichtigungen werden angeboten am 25.1.2016 und 1.2.2016.
   Treffpunkt ist jeweils um 10:00 Uhr im Foyer des Arbeitsgericht
   München, Winzererstraße 106, 80797 München.
   Anmeldung per Email bei Herrn Franz Kraska unter
   [7]haushalt@arbg-m.bayern.de inkl. Angabe der teilnehmenden Personen
   (maximal 2 Personen).
   Die Teilnahme an einer Objektbesichtigung ist verpflichtend.
   Einwände, dass ein Bieter über die örtlichen Gegebenheiten nicht
   ausreichend informiert war, können nicht geltend gemacht werden.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
   80534 München
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 8921762411
   Fax: +49 8921762847
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf
   § 107 (3) GWB wird verwiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist insbesondere
   unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
   des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   S.o. VI.4.1)
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   5.1.2016
References
   6. mailto:Haushalt@arbg-m.bayern.de?subject=TED
   7. mailto:haushalt@arbg-m.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - SE-Borlänge
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 5373-2016 (ID: 2016010809080442731)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  SE-Borlänge: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
   2016/S 5/2016 5373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Trafikverket
   202100-6297
   Rödavägen 1
   SE-781 89 Borlänge
   SCHWEDEN
   Telefon: +46 771921921
   E-Mail: [4]lars-goran.tornlund@trafikverket.se
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.trafikverket.se
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
   KVERKET
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
   KVERKET
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71000000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros
   und Prüfstellen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   29.2.2016 - 23:59
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Schwedisch.
References
   4. mailto:lars-goran.tornlund@trafikverket.se?subject=TED
   5. http://www.trafikverket.se/
   6. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
   7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFIKVERKET
   8. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFIKVERKET
OT: 08/01/2016    S5    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
   förfarande
   Sverige-Borlänge: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
   2016/S 005-005373
   Meddelande om upphandling
   Tjänster
   Direktiv 2004/18/EG
   Avsnitt I: Upphandlande myndighet
   I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
   Trafikverket
   202100-6297
   Rödavägen 1
   SE-781 89 Borlänge
   SVERIGE
   Telefon: +46 771921921
   E-post: [6]lars-goran.tornlund@trafikverket.se
   Internetadress(er):
   Upphandlande myndighet: [7]http://www.trafikverket.se
   Upphandlarprofil:
   [8]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
   Elektronisk tillgång till information:
   [9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
   KVERKET
   Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar:
   [10]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAF
   IKVERKET
   Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
   för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
   erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
   Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
   kontaktpunkt(er)
   I.2)Typ av upphandlande myndighet
   Statligt organ eller förbundsorgan
   I.3)Huvudsaklig verksamhet
   Allmänna offentliga tjänster
   I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
   Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
   vägnar: nej
   Avsnitt II: Upphandlingens föremål
   II.1)Beskrivning
   II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
   Specialistkompetens inom RFID.
   II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
   utförande
   Tjänster
   Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
   integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur,
   därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
   teknisk provning och analys
   Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
   Borlänge.
   NUTS-kod SE
   II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
   inköpssystem
   Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
   II.1.4)Information om ramavtal
   II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
   Uppdraget består i att bistå Trafikverket med Specialistkompetens inom
   området RFID.
   I investeringsprojektet ska konsulten ha ansvaret för val av nya
   platser för installationer där faktorer som utrymme, tågföring,
   kommunikation, el etc. ska beaktas. Underlaget ligger till grund för
   den projektering som ska göras inför byggnation. Konsulten ska
   samarbeta nära med den projektering och byggnation som utförs av för
   uppdraget särskilda entreprenörer.
   Konsulten ska även vara stöd till Trafikverket vid införande av RFID i
   verksamheten. Kompetensen inom RFID ligger till grund för hur tekniken
   kan användas i olika sammanhang såsom underhåll och fordonslogistik.
   Även i samarbetet med GS1 ska konsulten stödja Trafikverket och bidra
   med sin tekniska kompetens.
   Förutom stöd genom kompetens kan även konsulten få ansvaret att
   självständigt driva frågor inom RFID inom Trafikverket eller som
   Trafikverkets representant i externa sammanhang.
   Konsulten ska kunna vara tillgänglig i hela Sverige samt
   internationellt eftersom arbetet kan ske i hela Trafikverkets område,
   samt även vid internationella mässor, konferenser och seminarier, samt
   vid kontakter med leverantörer, organisationer, järnvägsoperatörer och
   infrastrukturägare.
   II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
   (CPV-referensnummer)
   71000000
   II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
   Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
   II.1.8)Delar
   Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
   II.1.9)Information om alternativa anbud
   Alternativa anbud accepteras: nej
   II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
   II.2.1)Total mängd eller omfattning:
   Uppskattat värde, exkl. moms: 3 300 000 SEK
   II.2.2)Information om optioner
   Option: nej
   II.2.3)Information om förlängning
   Detta kontrakt kan förlängas: ja
   I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en
   beräknad tidsram för senare upphandling:
   antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
   II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
   Start 1.7.2016. Datum för slutförande 30.6.2018
   Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
   III.1)Villkor för kontraktet
   III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
   III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
   hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
   III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
   kontraktet ska anta:
   III.1.4)Andra särskilda villkor
   Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
   III.2)Villkor för deltagande
   III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
   krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
   III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
   III.2.3)Teknisk kapacitet
   III.2.4)Information om reserverade kontrakt
   III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
   III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
   Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
   III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
   Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
   personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja
   Avsnitt IV: Förfarande
   IV.1)Typ av förfarande
   IV.1.1)Typ av förfarande
   Öppet
   IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
   eller delta
   IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
   dialogen
   IV.2)Tilldelningskriterier
   IV.2.1)Tilldelningskriterier
   Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
   kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
   eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
   IV.2.2)Information om elektronisk auktion
   En elektronisk auktion kommer att användas: nej
   IV.3)Administrativ information
   IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
   CTM Idnr 131366
   IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
   nej
   IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling
   Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
   IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
   29.2.2016 - 23:59
   IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
   anbud eller delta
   IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
   svenska.
   IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
   T.o.m: 31.5.2016
   IV.3.8)Anbudsöppning
   Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
   Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
   VI.1)Är detta en återkommande upphandling
   Detta är en återkommande upphandling: nej
   VI.2)Information om EU-medel
   Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
   EU-medel: nej
   VI.3)Kompletterande information
   VI.4)Överprövningsförfaranden
   VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
   VI.4.2)Överprövning
   VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
   VI.5)Datum då meddelandet sänts:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bank- und Investmentdienstleistungen - FR-Clermont-Ferrand
Bank- und Investmentdienstleistungen
Dokument Nr...: 5473-2016 (ID: 2016010809093642847)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  FR-Clermont-Ferrand: Bank- und Investmentdienstleistungen
   2016/S 5/2016 5473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Conseil régional d'Auvergne
   59 boulevard Léon Jouhaux, CS 90706
   Zu Händen von: Mme Ulrich Camille
   63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
   FRANKREICH
   Telefon: +33 473318585
   Fax: +33 473318623
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.auvergne.fr/
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66100000
   Beschreibung
   Bank- und Investmentdienstleistungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 5DEA0025 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sofimac SA
   24 avenue de l'Agriculture
   63100 Clermont-Ferrand
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 201 100 EUR
References
   4. http://www.auvergne.fr/
   5. http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
OT: 08/01/2016    S5    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Clermont-Ferrand: Services bancaires et d'investissement
   2016/S 005-005473
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Conseil régional d'Auvergne
   59 boulevard Léon Jouhaux, CS 90706
   À l'attention de: Mme Ulrich Camille
   63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
   FRANCE
   Téléphone: +33 473318585
   Fax: +33 473318623
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [6]http://www.auvergne.fr/
   Adresse du profil dacheteur:
   [7]http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6b:
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Sélection d'un intermédiaire financier en charge de créer et gérer un
   fonds de capital amorçage et démarrage destiné au financement de
   l'innovation dans le cadre de la stratégie et du d'investissement du
   fonds de participation Jérémie Auvergne 2.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66100000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Composition de l'équipe dédiée à l'exécution de la prestation.
   Pondération 10
   2. Modalités d'organisation et de gestion du fonds. Pondération 25
   3. Pertinence de la stratégie de gestion du fonds. Pondération 25
   4. Coût de la rémunération. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   5DEA0025
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 200-362948 du 15.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 5DEA0025 Lot nº: 1 - Intitulé: Sélection d'un intermédiaire
   financier en charge de créer et de gérer un fonds de capital amorçage
   et démarrage destiné au financement de l'innovation dans le cadre de la
   stratégie d'investissement du fonds de participation Jérémie Auvergne 2
   V.1)Date d'attribution du marché:
   9.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Sofimac SA
   24 avenue de l'Agriculture
   63100 Clermont-Ferrand
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 2 201 100 EUR
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: oui
   Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s):
   VI.2)Informations complémentaires:
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-156105, mise en ligne le 13.10.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
   6 cours Sablon
   63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
   E-mail: [9]greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
   Téléphone: +33 473146100
   Fax: +33 473146122
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
   53 boulevard Vivier Merle
   69003 Lyon
   E-mail: [10]dr69-titss@sante.gouv.fr
   Téléphone: +33 472770520
   Fax: +33 478928316
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
   6 cours Sablon
   63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
   Téléphone: +33 473146100
   Fax: +33 473146122
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bankdienstleistungen - CZ-Prag
Bankdienstleistungen
Einlagengeschäft
Internationaler Zahlungstransfer
Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
Dokument Nr...: 5573-2016 (ID: 2016010809104342939)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  CZ-Prag: Bankdienstleistungen
   2016/S 5/2016 5573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Univerzita Karlova v Praze
   00216208
   Ovocný trh 560/5
   Kontaktstelle(n): Ekonomický odbor RUK
   Zu Händen von: Ing. Zuzana Beníková
   110 00 Praha
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 224491536
   E-Mail: [4]vyberbank@ruk.cuni.cz
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cuni.cz
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c
   -1f0fbfca1fee
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66110000, 66112000, 66115000, 66172000
   Beschreibung
   Bankdienstleistungen.
   Einlagengeschäft.
   Internationaler Zahlungstransfer.
   Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 5 615 000 CZK
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   eská spoitelna, a.s.
   Olbrachtova 1929/62
   140 00 Praha 4
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   E-Mail: [7]pchlupac@csas.cz
   Telefon: +420 956714454
   Internet-Adresse: [8]http://www.csas.cz/
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 38 000 000 CZK
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 615 000 CZK
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 48
References
   4. mailto:vyberbank@ruk.cuni.cz?subject=TED
   5. http://www.cuni.cz/
   6. http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee
   7. mailto:pchlupac@csas.cz?subject=TED
   8. http://www.csas.cz/
OT: 08/01/2016    S5    - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
   ízení
   eská republika-Praha: Bankovnictví
   2016/S 005-005573
   Oznámení o zadání zakázky
   Sluby
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Univerzita Karlova v Praze
   00216208
   Ovocný trh 560/5
   Kontaktní místo: Ekonomický odbor RUK
   K rukám: Ing. Zuzana Beníková
   110 00 Praha
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 224491536
   E-mail: [6]vyberbank@ruk.cuni.cz
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.cuni.cz
   Adresa profilu kupujícího:
   [8]http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c
   -1f0fbfca1fee
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Veejnoprávní instituce
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   kolství
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce
   Poskytování bankovních slueb pro Univerzitu Karlovu v Praze.
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Sluby
   Kategorie slueb . 6: Finanní sluby a) Pojiovací sluby b)
   Bankovní a investiní sluby
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
   eská republika.
   Kód NUTS CZ0
   II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
   (DNS)
   II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
   Pedmtem veejné zakázky jsou standardní bankovní sluby, zahrnující
   zejména vedení nkolika bných út, spoících út a krátkodobých
   termínovaných vklad (s dobou splatnosti do 1 msíce).
   Vedení bných út zahrnuje zejména následující sluby:
    poskytování tuzemského a zahraniního platebního styku,
    výbr hotovosti u pepáky a v bankomatech,
    vedení platebních karet,
    akceptace platebních karet na terminálech i prostednictvím
   internetu,
    zajitní dálkového zpracování dat,
    zajitní výplat stipendií pro studenty vyjídjící a pijídjící v
   rámci programu Erasmus+. Bankovní sluby spojené se zhodnocením volných
   finanních prostedk vetn termínovaných vklad s dobou splatnosti
   nad 1 msíc jsou z veejné zakázky vylenny. Z dvodu rozloení rizika
   se zadavatel rozhodl pro výbr 2 bankovních institucí, které si rozdlí
   portfolio poptávaných bankovních slueb.
   II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   66110000, 66112000, 66115000, 66172000
   II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
   II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   Hodnota: 5 615 000 CZK
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska
   1. Nabídková cena. Váha 90
   2. Poet vlastních poboek uchazee na území hlavního msta Prahy. Váha
   10
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Byla pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   Oznámení pedbných informací
   íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 091-163730 ze dne 12.5.2015
   Oznámení o zakázce
   íslo oznámení v Ú. vst: [10]2015/S 159-292356 ze dne 19.8.2015
   Oddíl V: Zadání zakázky
   ást zakázky .: 1 - Název: Poskytování bankovních slueb pro
   Univerzitu Karlovu v Praze  Banka 1
   V.1)Datum zadání zakázky:
   22.12.2015
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 5
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   eská spoitelna, a.s.
   Olbrachtova 1929/62
   140 00 Praha 4
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [11]pchlupac@csas.cz
   Tel.: +420 956714454
   Internetová adresa: [12]http://www.csas.cz/
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 38 000 000 CZK
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 5 615 000 CZK
   Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
   poet msíc: 48
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   VI.3)Odvolací ízení
   VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [13]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [14]http://www.uohs.cz
   VI.3.2)Podání odvolání
   Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
   návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doruit do
   15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu Zadavatele, který
   napadá, nejpozdji vak do doby uzavení smlouvy. Zadavatel je povinen
   námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné doruit ÚOHS i Zadavateli do
   10 dn od doruení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od
   odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [15]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [16]https://www.uohs.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im Energiebereich - HU-Szentendre
Dienstleistungen im Energiebereich
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
Durchführbarkeitsstudie
Planungsleistungen im Bauwesen
Technische Kontrolle und Tests
Architekturentwurf
Dokument Nr...: 5673-2016 (ID: 2016010809113443037)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  HU-Szentendre: Dienstleistungen im Energiebereich
   2016/S 5/2016 5673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   ÉMI  Építésügyi Minségellenrz Innovációs Nonprofit Kft.
   AK09494
   Dózsa György út 26.
   Zu Händen von: Katona-Fábián Viktória
   2000 Szentendre
   UNGARN
   Telefon: +36 13726100
   E-Mail: [4]info@emi.hu
   Fax: +36 13868794
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.emi.hu
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71314000, 71242000, 79314000, 71320000, 71630000, 71220000
   Beschreibung
   Dienstleistungen im Energiebereich.
   Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung.
   Durchführbarkeitsstudie.
   Planungsleistungen im Bauwesen.
   Technische Kontrolle und Tests.
   Architekturentwurf.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 149 500 000 HUF
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   TSPC  Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
   Ezerjó út 10.
   9011 Gyr
   UNGARN
   E-Mail: [6]info@tspc.hu
   Telefon: +36 18009191
   Fax: +36 18009192
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 111 000 000 HUF
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 149 500 000 HUF
   ohne MwSt
References
   4. mailto:info@emi.hu?subject=TED
   5. http://www.emi.hu/
   6. mailto:info@tspc.hu?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás
   eredményérl - Nyílt eljárás
   Magyarország-Szentendre: Energetikai és azzal kapcsolatos
   szolgáltatások
   2016/S 005-005673
   Tájékoztató az eljárás eredményérl
   Szolgáltatásmegrendelés
   2004/18/EK irányelv
   I. szakasz: Ajánlatkér
   I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
   ÉMI  Építésügyi Minségellenrz Innovációs Nonprofit Kft.
   AK09494
   Dózsa György út 26.
   Címzett: Katona-Fábián Viktória
   2000 Szentendre
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 13726100
   E-mail: [6]info@emi.hu
   Fax: +36 13868794
   Internetcím(ek):
   Az ajánlatkér általános címe: [7]www.emi.hu
   I.2)Az ajánlatkér típusa
   Közjogi intézmény
   I.3)F tevékenység
   Egyéb: természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés,
   minség-ellenrzés
   I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
   Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: nem
   II. szakasz: A szerzdés tárgya
   II.1)Meghatározás
   II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
   Erzsébet szálloda, Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.),
   energetikai audit, tervezési és egyébfeladatok elvégzése.
   II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
   Szolgáltatásmegrendelés
   Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások;
   mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
   városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefügg
   tudományos és mszaki tanácsadási szolgáltatások; mszaki vizsgálati és
   elemz szolgáltatások
   A teljesítés helye: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82. és
   ajánlatkér székhelye.
   NUTS-kód HU101
   II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
   vonatkozó információk
   II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
   Erzsébet szálloda, Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.),
   energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan
   költségvetési kiírások elkészítése, költségbecslések, változatelemzések
   elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési
   tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció mszaki leírásainak
   elkészítése, feltételes közbeszerzés dokumentumainak elkészítése.
   II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
   71314000, 71242000, 79314000, 71320000, 71630000, 71220000
   II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
   A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
   igen
   II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   Érték: 149 500 000 HUF
   Áfa nélkül
   IV. szakasz: Eljárás
   IV.1)Az eljárás fajtája
   IV.1.1)Az eljárás fajtája
   Nyílt
   IV.2)Bírálati szempontok
   IV.2.1)Bírálati szempontok
   Az összességében legelnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
   1. Nettó ajánlati ár.. Súlyszám 80
   2. Szakmai ajánlat minsége.. Súlyszám 20
   IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
   Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
   IV.3)Adminisztratív információk
   IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
   IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
   Ajánlati/részvételi felhívás
   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 170-309886 3.9.2015
   V. szakasz: Az eljárás eredménye
   A szerzdés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Erzsébet szálloda,
   Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.), energetikai audit,
   tervezési és egyébfeladatok elvégzése
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   23.11.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 4
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   TSPC  Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
   Ezerjó út 10.
   9011 Gyr
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [9]info@tspc.hu
   Telefon: +36 18009191
   Fax: +36 18009192
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés eredetileg becsült összértéke:
   Érték: 111 000 000 HUF
   Áfa nélkül
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 149 500 000 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: igen
   Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
   igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
   Nem ismert
   Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Építmények
   gépészeti tervezése, építményvillamossági tervezés, energetikai
   tanúsítás.
   VI. szakasz: Kiegészít információk
   VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
   programmal kapcsolatos: igen
   Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az Erzsébet-program
   végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális kampuszok
   létrehozásáról szóló kormány-elterjesztésben nevesített egyes
   létesítmények energiahatékonysági beruházásainak elkészítése.
   KEOP-7.9.0/12-2014-0035.
   VI.2)További információk:
   A nyertes Kkv-törvény szerinti besorolása: mikrovállalkozás.
   Ajánlattevk:
    Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Ülli út 455.),
    TSPC  Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.,
    MÉP Építmérnöki Kft. (1095 Budapest, Tinódi u. 6.),
    Top-kvalitás Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.).
   VI.3)Jogorvoslati eljárás
   VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [10]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828594
   Internetcím: [11]www.kozbeszerzes.hu
   Fax: +36 18828593
   VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
   információ: Kbt. 137. § szerint.
   VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
   következ szervtl szerezhet be
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 18828594
   Internetcím: [13]www.kozbeszerzes.hu
   Fax: +36 18828593
   VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Gartenbau - SK-Trenín
Dienstleistungen im Gartenbau
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Grundstückspflege
Anlegen von Rasen
Dokument Nr...: 573-2016 (ID: 2016010209303037854)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  SK-Trenín: Dienstleistungen im Gartenbau
   2016/S 1/2016 573
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Mesto Trenín
   00312037
   Mierové námestie 2
   Kontaktstelle(n): Mierové námestie . 2, 911 64 Trenín, Slovensko
   Zu Händen von: Mgr. Martina Trenanová
   911 64 Trenín
   SLOWAKEI
   Telefon: +421 326504265
   E-Mail: [4]trencanova@trencin.sk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   Beschreibung
   Dienstleistungen im Gartenbau.
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
   Grundstückspflege.
   Anlegen von Rasen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 16.2.2016 - 10:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   16.2.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
References
   4. mailto:trencanova@trencin.sk?subject=TED
OT: 02/01/2016    S1    - - Sluby - Oznámenie o vyhlásení verejného
   obstarávania - Verejná súa
   Slovensko-Trenín: Záhradnícke sluby
   2016/S 001-000573
   Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
   Sluby
   Smernica 2004/18/ES
   Oddiel I: Verejný obstarávate
   I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
   Mesto Trenín
   00312037
   Mierové námestie 2
   Kontaktné miesto (miesta): Mierové námestie . 2, 911 64 Trenín,
   Slovensko
   Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trenanová
   911 64 Trenín
   SLOVENSKO
   Telefón: +421 326504265
   E-mail: [6]trencanova@trencin.sk
   alie informácie mono získa na adrese: Vyie uvedené kontaktné
   miesto/miesta
   Súané a doplujúce podklady (vrátane podkladov pre súaný dialóg a
   dynamický nákupný systém) mono získa na adrese: Vyie uvedené
   kontaktné miesto/miesta
   Ponuky alebo iadosti o úas sa musia zasiela na: Vyie uvedené
   kontaktné miesto/miesta
   I.2)Druh verejného obstarávatea
   Regionálny alebo miestny orgán
   I.3)Hlavná innos
   Iné: plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu
   tátnej správy
   I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateov
   Verejný obstarávate nakupuje v mene iných verejných obstarávateov:
   nie
   Oddiel II: Predmet zákazky
   II.1)Opis
   II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateom:
   Kosenie verejnej zelene.
   II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutoovania prác, dodania tovarov alebo
   poskytovania sluieb
   Sluby
   Kategória sluieb . 27: Ostatné sluby
   Hlavné miesto alebo lokalita uskutoovania prác, dodania tovarov alebo
   poskytovania sluieb: Územie mesta Trenín.
   Kód NUTS SK022
   II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom
   nákupnom systéme (DPS)
   Oznámenie zaha uzavretie rámcovej dohody
   II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
   Rámcová dohoda s jediným uchádzaom
   Trvanie rámcovej dohody
   Trvanie v mesiacoch: 48
   Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej
   dohody
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 928 475,26 EUR
   II.1.5)Struný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
   Predmetom zákazky je poskytnutie sluieb kosenia verejnej zelene na
   území mesta Trenín s odvozom a znekodnením  uskladnením BIO odpadu
   na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
   tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia.
   Zákazka je rozdelená na 4 samostatné asti:
   1. as: Kosenie Sever;
   2. as: Kosenie Stred;
   3. as: Kosenie Západ;
   4. as: Kosenie JUH + ruderál.
   Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
   podkladoch.
   II.1.6)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
   Na túto zákazku sa vzahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
   II.1.8)asti
   Táto zákazka sa delí na asti: áno
   Ponuky mono predklada na jednu alebo viac astí
   II.1.9)Informácie o variantoch
   Varianty sa budú prijíma: nie
   II.2)Mnostvo alebo rozsah zmluvy
   II.2.1)Celkové mnostvo alebo rozsah:
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 928 475,26 EUR
   II.2.2)Informácie o opciách
   Opcie: nie
   II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
   II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokonenie
   Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
   Informácie o astiach
   as .: 1 Názov: Kosenie Sever
   1)Struný opis
   Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti SeveR
   o výmere 275 604 m², s odvozom a znekodnením  uskladnením BIO odpadu
   na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
   tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
   pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
   zákazky budú súasou súaných podkladov.
   Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
   podkladoch.
   2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   3)Mnostvo alebo rozsah
   275 604 m2.
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 187 410,67 EUR
   4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
   5)Doplujúce informácie o astiach
   Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
   jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
   obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
   zmlúv  na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
   V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
   oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
   zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
   as .: 2 Názov: Kosenie STRED
   1)Struný opis
   Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti Stred
   o výmere 313 924 m², s odvozom a znekodnením  uskladnením BIO odpadu
   na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
   tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
   pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
   zákazky budú súasou súaných podkladov.
   Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
   podkladoch.
   2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   3)Mnostvo alebo rozsah
   313 924 m².
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 213 468,32 EUR
   4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
   5)Doplujúce informácie o astiach
   Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
   jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
   obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
   zmlúv  na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
   V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
   oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
   zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
   as .: 3 Názov: Kosenie Západ
   1)Struný opis
   Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti ZÁPAD
   o výmere 59 469 m², s odvozom a znekodnením  uskladnením BIO odpadu
   na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
   tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
   pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
   zákazky budú súasou súaných podkladov.
   Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
   podkladoch.
   2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   3)Mnostvo alebo rozsah
   59 469 m².
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 40 438 EUR
   4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
   5)Doplujúce informácie o astiach
   Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
   jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
   obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
   zmlúv  na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
   V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
   oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
   zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
   as .: 4 Názov: Kosenie JUH + ruderál
   1)Struný opis
   Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti JUH a
   ruderálu o výmere 386542 m², s odvozom a znekodnením  uskladnením BIO
   odpadu na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do
   roka s tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové
   podklady pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti
   predmetu zákazky budú súasou súaných podkladov.
   Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
   podkladoch.
   2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
   77300000, 77310000, 77314000, 77314100
   3)Mnostvo alebo rozsah
   386542 m2.
   Predpokladaná hodnota bez DPH: 487 157,47 EUR
   4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
   5)Doplujúce informácie o astiach
   Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
   jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
   obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
   zmlúv  na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
   V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
   oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
   zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
   Oddiel III: Právne, ekonomické, finanné a technické informácie
   III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
   III.1.1)Poadované zábezpeky a záruky:
   Zábezpeka sa vyaduje pre as 2 a as 4 zákazky nasledovne:
   18.A Zábezpeka as 2:
   18.A.1 zábezpeka ponúk sa vyaduje vo výke 3 000 EUR (slovom: tritisíc
   EUR).
   18.A 2 verejný obstarávate umouje uchádzaovi zloi zábezpeku
   formou:
   18.A 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzaa:
    poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313322 zákona
   . 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorích predpisov,
    záruná listina môe by vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
   republike, pobokou zahraninej banky v Slovenskej republike alebo
   zahraninou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môe by v zárunej
   listine obmedzená do 30.9.2016 s tým, e v zárunej listine musí by
   výslovne uvedená monos jej predenia v prípade predenia lehoty
   viazanosti ponúk a do uplynutia novej lehoty viazanosti,
    v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný
   obstarávate túto skutonos uchádzaovi. V tomto prípade je povinný
   uchádza poiada banku o predenie platnosti bankovej záruky na celú
   dobu, o ktorú verejný obstarávate predi lehotu viazanosti. Uchádza
   je následne povinný dorui verejnému obstarávateovi originál alebo
   úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude
   jasne vyplýva, e banka predluje platnos bankovej záruky na celú (aj
   predenú) lehotu viazanosti urenú verejným obstarávateom. Uchádza
   musí dorui doklad vydaný bankou (t. z. doklad o predení doby
   platnosti bankovej záruky po celú predenú lehotu viazanosti ponúk) v
   lehote do 10 dní odo da doruenia oznámenia verejného obstarávatea o
   predení lehoty viazanosti uchádzaovi. V prípade, ak uchádza tento
   doklad od banky nepredloí v lehote do 10 dní odo da doruenia
   oznámenia verejného obstarávatea o predení lehoty viazanosti
   uchádzaovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, e banka predluje
   dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný
   obstarávate predil lehotu viazanosti (t. z. a do posledného da
   novej predenej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzaa
   vylúená z tejto zákazky,
    záruná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, e uspokojí
   verejného obstarávatea (veritea) za uchádzaa do výky finanných
   prostriedkov, ktoré verejný obstarávate (verite) poaduje ako
   zábezpeku viazanosti ponuky uchádzaa, musí by súasou ponuky,
    ak záruná listina nebude súasou ponuky alebo ak záruná listina
   nebude vystavená v súlade s pokynmi uvedenými v týchto podkladoch alebo
   nebude výslovne obsahova monos jej predenia v prípade predenia
   lehoty viazanosti ponúk a do uplynutia posledného da novej predenej
   lehoty viazanosti ponúk, bude uchádza zo zákazky vylúený;
   18.A.2.2. zloenia finanných prostriedkov v prislúchajúcej výke 3 000
   EUR na úet verejného obstarávatea:
   Bankové spojenie: eskoslovenská obchodná banka, a.s., korporátna
   poboka Trenín, . útu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS:
   (2015000010).
   Finanné prostriedky v urenej výke musia by pripísané na úet
   verejného obstarávatea najneskôr do momentu uplynutia lehoty na
   predkladanie ponúk. Ak finanné prostriedky nebudú zloené na úet
   verejného obstarávatea poda podmienok uvedených v týchto podkladoch,
   bude ponuka tohto uchádzaa vylúená. Vetky poplatky a iné náklady
   spojené s prevodom finanných prostriedkov na úet verejného
   obstarávatea znáa uchádza. To znamená, e na úet verejného
   obstarávatea musí by pripísaná zábezpeka v prislúchajúcej výke, inak
   bude ponuka tohto uchádzaa vylúená.
   18 B Zábezpeka as 4:
   18.B.1 zábezpeka ponúk sa vyaduje vo výke 5 000 EUR (slovom: tritisíc
   EUR);
   18.B 2 verejný obstarávate umouje uchádzaovi zloi zábezpeku
   formou:
   18.B 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzaa:
    poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313322 zákona
   . 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorích predpisov,
    záruná listina môe by vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
   republike, pobokou zahraninej banky v Slovenskej republike alebo
   zahraninou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môe by v zárunej
   listine obmedzená do 30.9.2016 s tým, e v zárunej listine musí by
   výslovne uvedená monos jej predenia v prípade predenia lehoty
   viazanosti ponúk a do uplynutia novej lehoty viazanosti,
    v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný
   obstarávate túto skutonos uchádzaovi. V tomto prípade je povinný
   uchádza poiada banku o predenie platnosti bankovej záruky na celú
   dobu, o ktorú verejný obstarávate predi lehotu viazanosti. Uchádza
   je následne povinný dorui verejnému obstarávateovi originál alebo
   úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude
   jasne vyplýva, e banka predluje platnos bankovej záruky na celú (aj
   predenú) lehotu viazanosti urenú verejným obstarávateom. Uchádza
   musí dorui doklad vydaný bankou (t. z. doklad o predení doby
   platnosti bankovej záruky po celú predenú lehotu viazanosti ponúk) v
   lehote do 10 dní odo da doruenia oznámenia verejného obstarávatea o
   predení lehoty viazanosti uchádzaovi. V prípade, ak uchádza tento
   doklad od banky nepredloí v lehote do 10 dní odo da doruenia
   oznámenia verejného obstarávatea o predení lehoty viazanosti
   uchádzaovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, e banka predluje
   dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný
   obstarávate predil lehotu viazanosti (t. z. a do posledného da
   novej predenej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzaa
   vylúená z tejto zákazky,
    záruná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, e uspokojí
   verejného obstarávatea (veritea) za uchádzaa do výky finanných
   prostriedkov, ktoré verejný obstarávate (verite) poaduje ako
   zábezpeku viazanosti ponuky uchádzaa, musí by súasou ponuky,
    ak záruná listina nebude súasou ponuky alebo ak záruná listina
   nebude vystavená v súlade s pokynmi uvedenými v týchto podkladoch alebo
   nebude výslovne obsahova monos jej predenia v prípade predenia
   lehoty viazanosti ponúk a do uplynutia posledného da novej predenej
   lehoty viazanosti ponúk, bude uchádza zo zákazky vylúený;
   18.B.2.2. zloenia finanných prostriedkov v prislúchajúcej výke 3 000
   EUR na úet verejného obstarávatea:
   Bankové spojenie: eskoslovenská obchodná banka, a.s., korporátna
   poboka Trenín, . útu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS:
   (2015000011).
   Finanné prostriedky v urenej výke musia by pripísané na úet
   verejného obstarávatea najneskôr do momentu uplynutia lehoty na
   predkladanie ponúk. Ak finanné prostriedky nebudú zloené na úet
   verejného obstarávatea poda podmienok uvedených v týchto podkladoch,
   bude ponuka tohto uchádzaa vylúená. Vetky poplatky a iné náklady
   spojené s prevodom finanných prostriedkov na úet verejného
   obstarávatea znáa uchádza. To znamená, e na úet verejného
   obstarávatea musí by pripísaná zábezpeka v prislúchajúcej výke, inak
   bude ponuka tohto uchádzaa vylúená.
   Pre vetky asti zákazky, na ktoré sa vyaduje zábezpeka:
   18.3 v prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky musí
   by doklad o bankovej záruke súasou predloenej súanej ponuky ako
   originál (nestaí overená fotokópia!!!). V prípade, ak sa zábezpeka
   realizuje formou zloenia fin. prostriedkov na úet verejného
   obstarávatea, musí by doklad o poukázaní finanných prostriedkov na
   vyie uvedený úet verejného obstarávatea tie súasou ponuky, avak
   postauje predloenie kópie dokladu o poukázaní finanných prostriedkov
   na vyie uvedený úet verejného obstarávatea (prípadne ak bude úhrada
   realizovaná cez internetbanking postauje aj vytlaený doklad z PC);
   18.4 podmienky vrátenia zábezpeky:
   18.4.1 vrátenie zloených finanných prostriedkov na úet uchádzaa:
   18.4.1.1 ak uchádza zloil zábezpeku zloením finanných prostriedkov
   na bankový úet verejného obstarávatea poda bodu 18.2.2, verejný
   obstarávate ju vráti aj s úrokmi, ak ich banka verejnému
   obstarávateovi poskytuje;
   18.4.1.2 verejný obstarávate uvoní zábezpeku najneskôr do siedmich
   dní od uzavretia zmluvy;
   18.4.2 uvonenie zábezpeky poskytnutej bankovou zárukou za uchádzaa:
   Ak uchádza zloil zábezpeku formou bankovej záruky, táto banková
   záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak verejný
   obstarávate (verite) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
   záruky poas doby jej platnosti;
   18.5 podmienky uvonenia zábezpeky:
   Verejný obstarávate uvoní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
   uchádzaovi zábezpeku do siedmich dní, ak:
   a) uchádza nesplnil podmienky úasti vo verejnom obstarávaní a verejný
   obstarávate ho vylúil z verejného obstarávania a uchádza nepodal
   námietku proti postupu verejného obstarávatea v lehote poda § 138
   ods. 5 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
   doplnení niektorých zákonov; alebo
   b) vylúil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádza nepodal
   námietku proti postupu verejného obstarávatea v lehote poda § 138
   ods. 5 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
   doplnení niektorých zákonov.
   18.6 ak verejný obstarávate zruí pouitý postup zadávania zákazky,
   bezodkladne vráti zábezpeku uchádzaovi;
   18.7 v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naalej
   zabezpeuje viazanos ponuky a do uplynutia predenej lehoty
   viazanosti ponúk;
   18.8 zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávatea, ak
   uchádza:
    odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk (poas lehoty
   viazanosti ponúk je uchádza viazaný svojou ponukou),
    ak v prípadoch poda § 32 ods. 11 nepredloí doklady v ase a
   spôsobom ureným verejným obstarávateom alebo predloí doklady, ktoré
   sú sfalované alebo inak pozmenené tak, e nezodpovedajú skutonosti a
   majú alebo by mohli ma vplyv na posúdenie osobného postavenia,
   finanného postavenia a ekonomického postavenia alebo technickej alebo
   odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech
    alebo ak neposkytne súinnos poda § 45 ods.9. zákona . 25/2006 Z.
   z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
   znení neskorích predpisov.
   III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz
   na prísluné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
   Predmet zákazky bude financovaný z rozpotu mesta Trenín  verejného
   obstarávatea. Verejný obstarávate neposkytne preddavok alebo zálohu
   na plnenie zmluvy. Platba za predmet zákazky sa bude realizova
   bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Podkladom pre
   úhradu ceny za vykonávanie sluieb bude faktúra vystavená úspeným
   uchádzaom  zmluvnou stranou 2 vdy po ukonení kosenia realizovaného
   na základe objednávky, Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo da jej
   doruenia zmluvnej strane 1  verejnému obstarávateovi.
   alie podmienky financovania sú uvedené v asti B.3 súaných
   podkladov  Obchodné podmienky poskytnutia sluieb  predmetu
   obstarávania.
   III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvori skupina hospodárskych
   subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
   III.1.4)alie osobitné podmienky
   Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
   Opis osobitných podmienok: Osobitné ustanovenie týkajúce sa uzavretia
   zmluvy.
   Kadý uchádza predloí vo svojej ponuke estné vyhlásenie (poda bodu
   16.1.10 asti A.1 súaných podkladov) o tom, e pri plnení zmluvy bude
   disponova technickým a personálnym vybavením schopným zrealizova
   predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve. To znamená, e verejný
   obstarávate nevyaduje, aby uchádzai disponovali týmto strojovým a
   personálnym vybavením u v ase predloenia ponuky, ale uvedené bude
   vyadova len od uchádzaa, ktorý sa v danej asti zákazky stane
   úspeným a verejný obstarávate s ním bude chcie uzatvori zmluvu.
   Úspený uchádza je povinný verejnému obstarávateovi do 30 dní odo da
   uplynutia lehoty poda § 45 ods. 2 a 7 zákona o verejnom obstarávaní
   preukáza, e disponuje technickým a personálnym vybavením schopným
   zrealizova predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve. Verejný
   obstarávate poaduje preukáza aspo nasledovné technické a personálne
   vybavenie:
    as 1: 3 ks kosaka a 3 ks krovinorez, 6 osôb,
    as 2: 4 ks kosaka a 3 ks krovinorez, 7 osôb,
    as 3: 2 ks kosaka a 2 ks krovinorez, 4 osoby,
    as 4: 5 ks kosaka a 4 ks krovinorez, 9 osôb.
   S uvedením názvu resp. typu technického vybavenia, roku výroby a
   krátkeho popisu jeho technického urenia a vlastníka uvedeného
   technického vybavenia. Zárove úspený uchádza predloí doklady o
   disponibilite (útovné doklady o zakúpení, technické
   preukazy/osvedenia, zmluvné zabezpeenie (prenájom/výpoika,...),
   útovné doklady alebo inventárne karty, resp. iné vhodné dokumenty
   preukazujúce disponibilitu s uvádzaným zariadením.
   U osôb uvedenie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp.
   obchodné meno, sídlo a IO u fyzických osôb podnikateov. Zárove
   uvedie, i sú tieto osoby jeho zamestnancami, resp. i budú vykonáva
   innos na základe iného zmluvného vzahu. V prípade, ak tieto osoby
   nie sú v zamestnaneckom, prípadne inom zmluvnom pomere k uchádzaovi,
   predloí uchádza aj estné vyhlásenie kadej tejto osoby, e bude k
   dispozícii pre plnenie zmluvy.
   V prípade, ak bude jeden uchádza úspeným vo viacerých astiach
   zákazky, nie je prípustné, aby preukázal to isté technické a personálne
   vybavenie pre viac astí zákazky a to vzhadom k tomu, e kosenie sa
   realizuje vo vetkých astiach zákazky v tom istom termíne. (T.z.,
   napr. ak bude uchádza úspený v asti 1 aj v asti 2, musí preukáza
   verejnému obstarávateovi 7 ks profesionálnych kosaiek, 6 ks
   krovinorezov a 13 osôb).
   Nepreukázanie poadovaného technického a personálneho vybavenia
   schopného zrealizova predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve, sa
   bude povaova za neposkytnutie súinnosti potrebnej k uzavretiu Zmluvy
   v zmysle § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
   Poda zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky platí, e
   úspený uchádza  Zmluvná strana 2 je povinná zabezpei zmluvné
   poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s
   innosou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní
   odo da nadobudnutia úinnosti tejto zmluvy minimálne na poistnú sumu
   20 000 EUR pre kadý jednotlivý prípad. Zmluvná strana 2 je povinná
   toto poistenie udriava a financova poas celej platnosti tejto
   zmluvy. V prípade, ak by Zmluvná strana 2 nemala toto poistenie poas
   trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej výke, má Zmluvná strana 1 
   verejný obstarávate právo odstúpi od tejto zmluvy.
   III.2)Podmienky úasti
   III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane poiadaviek
   týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
   Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
   podmienok: 1. Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní poda
   § 26 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):
   Platí pre vetky asti doklady poadované na preukázanie osobného
   postavenia uvedené v tomto bode (bod 1  § 26 aj bod 2  § 27) je
   postaujúce v ponuke predloi jedenkrát a to bez ohadu na to, i
   uchádza predkladá ponuku na jednu as, viac astí alebo na vetky
   asti zákazky.
   Uchádza preukáe splnenie tejto podmienky úasti nasledovne:
   a) predloí na preukázanie splnenia podmienok úasti týkajúcich sa
   osobného postavenia doklady poda § 26 ods. 2 zákona . 25/2006 Z. z. o
   verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
   neskorích predpisov; alebo
   b) platným zápisom do zoznamu podnikateov poda § 128 zákona o
   verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
   Splnenie podmienok úasti uvedených vyie bude vyhodnocované aj v
   súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie .
   5/2015 z 15.05.2015 k retrukturalizácii ako novej podmienke úasti
   týkajúcej sa osobného postavenia, poda ktorého platí, e:
   Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa s úinnosou dom vyhlásenia,
   t. j. od 29. 4. 2015, dopa ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) zákona o
   verejnom obstarávaní. Ide o doplnenie podmienok úasti týkajúcich sa
   osobného postavenia o skutonos, e verejného obstarávania sa môe
   zúastni len subjekt, ktorý nie je v retrukturalizácii.
   Táto skutonos sa preukazuje potvrdením prísluného súdu, nie starím
   ako 3 mesiace.
   Podnikate zapísaný v zozname podnikateov poda zákona o verejnom
   obstarávaní v znení úinnom do 28.4.2015 môe preukáza splnenie
   podmienky úasti, e nie je v retrukturalizácii,
   1. predloením potvrdenia prísluného súdu nie starieho ako tri
   mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému
   obstarávateovi alebo obstarávateovi alebo
   2. doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateov prostredníctvom
   oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie
   (alej len úrad) zverejuje na svojom webovom sídle s priloeným
   potvrdením prísluného súdu nie starím ako 3 mesiace.
   Celý text citovaného výkladového stanoviska UVO sa nachádza:
   [7]https://www.uvo.gov.sk/documents/10157/2678390/vykladove_stanovisko_
   2015_5_20150515.pdf
   Odôvodnenie vyadovania vyie uvedených podmienok úasti týkajúcich sa
   osobného postavenia:
   Podmienky úasti týkajúce sa osobného postavenia boli urené v zmysle §
   26 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Toto ustanovenie je
   taxatívne a preto ho musel verejný obstarávate v plnom rozsahu
   aplikova. Vzhadom ku skutonosti, e predmet zákazky je financovaný z
   verejných zdrojov, verejný obstarávate má záujem, aby bola zmluva
   uzavretá len s takým uchádzaom, ktorý spa vetky podmienky úasti
   uvedené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Je aj v záujme verejného
   obstarávatea, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný
   ako dlník voi prísluným tátnym orgánom, voi ktorému by bol vedený
   výkon rozhodnutia a tie, aby uchádza a jeho tatutárny orgán (resp.
   jeho lenovia) neboli právoplatne odsúdení za trestné iny, ktoré
   pecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý spa aj alie
   podmienky úasti tak, ako je uvedené v § 26 zákona o verejnom
   obstarávaní.
   Skupina dodávateov preukazuje splnenie podmienok úasti vo verejnom
   obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kadého lena skupiny
   osobitne a splnenie podmienok úasti vo verejnom obstarávaní týkajúce
   sa finanného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
   spôsobilosti preukazuje spolone. Splnenie podmienky úasti poda § 26
   ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje len skupiny
   len vo vzahu k tej asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpei.
   Skupina dodávateov môe vyui finanné zdroje úastníkov skupiny
   dodávateov alebo iných osôb poda § 27 ods. 2 zákona o verejnom
   obstarávaní, technické a odborné kapacity úastníkov skupiny
   dodávateov alebo iných osôb poda § 28 ods. 2 zákona o verejnom
   obstarávaní.
   III.2.2)Ekonomická a finanná spôsobilos
   Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
   podmienok: Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní, ktorými
   preukazuje finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o
   verejnom obstarávaní:
   Uchádza v ponuke predloí nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
   preukazuje svoje finanné alebo ekonomické postavenie:
   2.A pre as 1:
   2.A1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
   záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
   predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
   kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
   vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
   predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
   potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
   prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
   uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
   záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
   Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
   osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
   uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
   nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
   zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
   asti týchto podkladov.
   Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
   predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
   fotokópii;
   2.A.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
   priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
   odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
   obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
   silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
   predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
   na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
   uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
   ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
   finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
   (napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
   2.B pre as 2:
   2.B1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
   záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
   predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
   kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
   vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
   predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
   potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
   prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
   uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
   záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
   Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
   osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
   uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
   nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
   zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
   asti týchto podkladov.
   Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
   predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
   fotokópii;
   2.B.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
   priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
   odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
   obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
   silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
   predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
   na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
   uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
   ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
   finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
   (napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
   2.C pre as 3:
   2.C1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
   záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
   predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
   kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
   vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
   predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
   potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
   prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
   uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
   záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
   Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
   osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
   uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
   nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
   zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
   asti týchto podkladov.
   Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
   predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
   fotokópii;
   2.C.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
   priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
   odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
   obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
   silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
   predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
   na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
   uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
   ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
   finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
   (napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
   2.D pre as 4:
   2.D1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
   záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
   predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
   kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
   vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
   predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
   potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
   prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
   uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
   záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
   Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
   osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
   uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
   nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
   zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
   asti týchto podkladov.
   Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
   predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
   fotokópii;
   2.D 2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
   priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
   odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
   obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
   silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
   predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
   na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
   uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
   ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
   finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
   (napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.).
   Pre vetky asti zákazky:
   2.G uchádza môe na preukázanie finanného a ekonomického postavenia
   vyui finanné zdroje inej osoby, bez ohadu na ich právny vzah. V
   takomto prípade musí uchádza alebo záujemca verejnému obstarávateovi
   alebo obstarávateovi preukáza, e pri plnení zmluvy bude môc reálne
   disponova so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuíva na preukázanie
   finanného a ekonomického postavenia. Túto skutonos preukazuje
   uchádza písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
   osoby, ktorej zdrojmi mieni preukáza svoje finanné a ekonomické
   postavenie, e táto osoba poskytne plnenie poas celého trvania
   zmluvného vzahu. Osoba, ktorej zdroje majú by pouité na preukázanie
   finanného a ekonomického postavenia musí spa podmienky úasti poda
   § 26 ods. 1 vo vzahu k tej asti predmetu zákazky, na ktorú boli
   zdroje záujemcovi alebo uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo
   záujemca preukázal finanné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby
   a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
   plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádza alebo záujemca je
   oprávnený toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom tej
   osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; monos
   zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
   2.H v prípade, ak uchádza predkladá ponuku na viac alebo vetky asti
   zákazky platí, e je postaujúce, aby vyjadrenie banky o schopnosti
   uchádzaa plni svoje finanné záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku
   du, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, ktorým preukazuje
   finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o verejnom
   obstarávaní a estné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou
   zastupova uchádzaa), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má
   vedený úet (vymenuje vetky banky) a e nemá vedený úet v inej banke,
   ktorým preukazuje finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o
   verejnom obstarávaní predloil v ponuke len jeden krát.
   Poznámka k registru konených uívateov výhod:
   Verejný obstarávate nesmie uzavrie zmluvu s uchádzaom alebo
   uchádzami, pokia osoby poda § 27 ods. 2 zákona o verejnom
   obstarávaní, ktorých finanné zdroje uchádza alebo uchádzai vyuili
   na preukázanie finanného a ekonomického postavenia, nemajú v registri
   konených uívateov výhod zapísaných konených uívateov výhod.
   III.2.3)Technická spôsobilos
   Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
   podmienok:
   Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje
   technickú alebo odbornú spôsobilos poda § 28 zákona o verejnom
   obstarávaní:
   Uchádza v ponuke predloí nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
   preukazuje (odbornú) alebo technickú spôsobilos:
   3.A pre as 1:
   3.A.1 § 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
   alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
   kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
   16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
   doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
   náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
   z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
   znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
   odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
   Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
   poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
   kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
   opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
   rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
   kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
   referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
   ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
   odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
   ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
   tejto asti zákazky.
   Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
   tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
   období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
   ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
   prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
   presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
   rozhodnom období.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10.000,- EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
    ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
   tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
   obstarávaní,
    ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
   obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
   také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
   uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
   preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
   boli poskytnuté.
   Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
   predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
   a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
   rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
   § 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
   potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
   postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
   podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
   obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
   dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
   referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
   ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
   znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
   a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
   1.3.2014.
   V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
   toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
   Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
   údajov u odberateov uvedených v zozname.
   Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
   uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
   na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
   2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
   2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
   Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
   bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
   nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
   uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
   kurz;
   3.A.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
   aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
   poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
   podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
   verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
   súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
   subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
   vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
   tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
   minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
   dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
   skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
   zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
   uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
   verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
   riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
   problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
   plnenia;
   3.A.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
   plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
   zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
   subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
   alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
   narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa;
   3.A.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
   uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
   mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
   tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
   verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
   realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
   drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
   podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
   uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
   prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
   postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
   Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
   vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
   uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
   uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
   uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
   sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
   Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
   podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
   e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
   uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
   teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
   ponuke 2 x. Avak  verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
   uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
   asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9  týmto je teda moné splni
   aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
   zákona o verejnom obstarávaní;
   3.A. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
   bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
   záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
   pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
   ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
   zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
   technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
   kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
   majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
   musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
   asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
   uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
   kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
   rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
   uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
   alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
   postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
   3.B pre as 2:
   3.B.1 § 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
   alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
   kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
   16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné
   obdobie),doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením
   vetkých náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona .
   25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt
   dodania a odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia
   sluieb.
   Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
   poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
   kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
   opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
   rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
   kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
   referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
   ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
   odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
   ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
   tejto asti zákazky.
   Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
   tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
   období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
   ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
   prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
   presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
   rozhodnom období.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
    ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
   tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
   obstarávaní,
    ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
   obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
   také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
   uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
   preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
   boli poskytnuté.
   Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
   predpisov platí, e: splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
   a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
   rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
   § 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
   potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
   postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
   podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
   obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
   dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
   referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
   ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
   znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
   a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
   1.3.2014.
   V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
   toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
   Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
   údajov u odberateov uvedených v zozname.
   Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
   uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
   na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
   2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
   2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
   Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
   bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
   nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
   uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
   kurz;
   3.B.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
   aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
   poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
   podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
   verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
   súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
   subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
   vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
   tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
   minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
   dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
   skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
   zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
   uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
   verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
   riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
   problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
   plnenia;
   3.B.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
   plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
   zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
   subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
   alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
   narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa;
   3.B.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
   uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
   mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
   tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
   verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
   realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
   drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
   podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
   uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
   prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
   postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
   Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
   vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
   uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
   uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
   uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
   sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
   Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
   podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
   e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
   uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
   teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
   ponuke 2 x. Avak  verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
   uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
   asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9  týmto je teda moné splni
   aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
   zákona o verejnom obstarávaní;
   3.B. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
   bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
   záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
   pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
   ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
   zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
   technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
   kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
   majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
   musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
   asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
   uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
   kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
   rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
   uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
   alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
   postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
   3.C pre as 3:
   3.C.1 § 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
   alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
   kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
   16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
   doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
   náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
   z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
   znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
   odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
   Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
   poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
   kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
   opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
   rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
   kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
   referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
   ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
   odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
   ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
   tejto asti zákazky.
   Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
   tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
   období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
   ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
   prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
   presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
   rozhodnom období.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 25 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 5 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 5 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 5 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 25 000 EUR bez DPH.
   Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
    ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
   tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
   obstarávaní,
    ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
   obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
   také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
   uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
   preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
   boli poskytnuté.
   Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
   predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
   a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
   rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
   § 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
   potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
   postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
   podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
   obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
   dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
   referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
   ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
   znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
   a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
   1.3.2014.
   V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
   toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
   Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
   údajov u odberateov uvedených v zozname.
   Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
   uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
   na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
   2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
   2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
   Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
   bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
   nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
   uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
   kurz;
   3.C.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
   aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
   poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
   podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
   verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
   súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
   subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
   vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
   tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
   minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
   dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
   skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
   zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
   uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
   verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
   riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
   problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
   plnenia;
   3.C.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
   plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
   zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
   subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
   alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
   narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa;
   3.C.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
   uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
   mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
   tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
   verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
   realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
   drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
   podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
   uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
   prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
   postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
   Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
   vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
   uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
   uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
   uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
   sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
   Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
   podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
   e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
   uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
   teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
   ponuke 2 x. Avak  verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
   uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
   asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9  týmto je teda moné splni
   aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
   zákona o verejnom obstarávaní;
   3.C. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
   bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
   záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
   pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
   ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
   zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
   technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
   kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
   majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
   musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
   asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
   uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
   kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
   rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
   uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
   alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
   postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
   4.D pre as 4:
   3.D.1 § 28 ods. 1 písm. a)  Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
   alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
   kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
   16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
   doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
   náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
   z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
   znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
   odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
   Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
   poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
   kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
   opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
   rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
   kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
   referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
   ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
   odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
   ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
   tejto asti zákazky.
   Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
   tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
   období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
   ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
   prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
   presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
   rozhodnom období.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
    ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
   tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
   obstarávaní,
    ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
   obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
   také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
   uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
   preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
   boli poskytnuté.
   Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
   predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
   a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
   rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
   § 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
   potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
   postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
   podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
   obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
   dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
   referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
   ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
   znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
   a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
   1.3.2014.
   V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
   toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
   Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
   údajov u odberateov uvedených v zozname.
   Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
   uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
   na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
   2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
   2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
   Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
   bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
   nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
   uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
   kurz;
   3.D.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
   aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
   poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
   podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
   verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
   súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
   subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
   vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
   tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
   minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
   dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
   skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
   zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
   uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
   verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
   riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
   problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
   plnenia;
   3.D.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
   plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
   zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
   subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
   alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
   narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa;
   3.D.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
   Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
   uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
   mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
   tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
   verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
   realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
   drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
   podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
   uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
   prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
   postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
   Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
   vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
   uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
   uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
   uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
   sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
   Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
   podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
   e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
   uvedené poaduje v zmysle § 34 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní a
   teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
   ponuke 2 x. Avak  verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
   uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
   asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9  týmto je teda moné splni
   aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
   zákona o verejnom obstarávaní;
   3.D. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
   bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
   záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
   pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
   ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
   zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
   technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
   kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
   majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
   musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
   asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
   uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
   kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
   rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
   uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
   alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
   postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá.
   Pre vetky asti zákazky:
   3.E uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
   spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohadu
   na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo záujemca
   verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e pri
   plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby, ktorej
   spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
   odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
   zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
   technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
   spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
   kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
   majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
   musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1 vo vzahu k tej asti
   predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzaovi
   poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú spôsobilos
   alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými kapacitami inej osoby
   a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
   plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádza alebo záujemca je
   oprávnený toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom tej
   osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; monos
   zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
   3.F v prípade, ak uchádza predkladá ponuku na vetky asti zákazky je
   potrebné, aby predloil doklady poadované na preukázanie odbornej
   alebo technickej spôsobilosti (§ 28 zákona o verejnom obstarávaní) pre
   kadú as samostatne a to tak, ako je uvedené vyie.
   Pre odstránenie pochybností verejný obstarávate uvádza vysvetlenie:
   Napr. ak uchádza predkladá ponuku na as 1 aj na as 2, nemôe
   preukáza splnenie podmienky úasti poda § 28 ods.1 písm. a)
   referencie predloením jednej a tej istej referencie vo výke 100 000
   EUR bez DPH. Teda ak uchádza predkladá ponuku na viacero astí
   zákazky, jednu referenciu môe poui len v jednej asti. Avak pokia
   referencia svojou hodnotou (sumou) zodpovedá poiadavke verejného
   obstarávatea na výku referencii pre obe asti, takáto referencia bude
   akceptovaná t. z., napr. ak uchádza predkladá ponuku na as 1 aj na
   as 2 a predloí jednu referenciu vo výke 200 000 EUR bez DPH, takáto
   referencia bude vzhadom na svoju výku a vzhadom na výku referencii
   poadovaných verejným obstarávateom pre as 1 (100 000 EUR bez DPH) a
   pre as 2 (100 000 EUR bez DPH) akceptovaná.
   V prípade, ak uchádza predkladá ponuku na viacero astí zákazky, je
   povinný pri kadej referencii uvies, ku ktorej asti zákazky, na ktorú
   predloil ponuku, sa daná referencia a v akej hodnote vzahuje. Ak
   uchádza túto informáciu neuvedie, bude referencia zarátaná vo výke
   poadovanej verejným obstarávateom postupne najprv na as zákazky s
   najniím íslom, na ktorú uchádza predloil ponuku, následne na as
   zákazky s vyím íslom, na ktorú uchádza predloil ponuku, at. To
   znamená, napr. ak ponuka uchádzaa as Ostatné bude obsahova jednu
   referenciu vo výke 125 000 EUR bez DPH a uchádza predloí ponuku na
   as 1 (kde sa vyaduje referencia vo výke 100 000 EUR bez DPH), na
   as 2 (kde sa vyaduje referencia vo výke 100 000 EUR bez DPH) a na
   as 3 (kde sa vyaduje referencia vo výke 25 000 EUR bez DPH) a
   neuvedie, na ktoré asti zákazky sa táto referencia vzahuje, verejný
   obstarávate akceptuje na as 1 zákazky as referencie vo výke 100
   000 EUR bez DPH a na as 2 zákazky zvynú as referencie vo výke 25
   000 EUR bez DPH a teda uchádza splní túto podmienku úasti len pre
   jednu as (as 1) zákazky, na ktorú predloil ponuku.
   Poznámka k registru konených uívateov výhod:
   Verejný obstarávate nesmie uzavrie zmluvu s uchádzaom alebo
   uchádzami, pokia osoby poda § 28 ods. 2 zákona o verejnom
   obstarávaní, ktorých technické a odborné kapacity uchádza alebo
   uchádzai vyuili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
   spôsobilosti, nemajú v registri konených uívateov výhod zapísaných
   konených uívateov výhod.
   Minimálna poadovaná úrove tandardov:
   Pre as 1:
   § 28 ods. 1 písm. a).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   § 28 ods. 1 písm. k)
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa.
   Pre as 2:
   § 28 ods. 1 písm. a).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   § 28 ods. 1 písm. k).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa.
   Pre as 3:
   § 28 ods.1 písm. a).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 25 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 5 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 5 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 5 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 25 000 EUR bez DPH.
   § 28 ods. 1 písm. k).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa.
   Pre as 4:
   § 28 ods.1 písm. a).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
   poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
   predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
   období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
   jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
   minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
   bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
   (hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
   súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
   § 28 ods. 1 písm. k).
   Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
   splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
   podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
   poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
   ponuke uchádzaa.
   III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
   III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie sluieb
   III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
   Poskytovanie sluby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
   III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie sluby
   Právnické osoby by mali uvies mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov
   zodpovedných za poskytnutie sluby: nie
   Oddiel IV: Postup
   IV.1)Druh postupu
   IV.1.1)Druh postupu
   Otvorená
   IV.1.2)Obmedzenie potu uchádzaov, ktorí budú vyzvaní na predloenie
   ponuky alebo na úas
   IV.1.3)Zníenie potu uchádzaov poas rokovania alebo dialógu
   IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
   IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
   Najniia cena
   IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
   Pouije sa elektronická aukcia: áno
   Dodatoné informácie o elektronickej aukcii: Na kadú as zákazky
   prebehne samostatná elektronická aukcia. Uchádzai môu v elektronickej
   aukcii zniova svoje celkové ceny s DPH (za celé obdobie trvania
   zmluvy  v súlade s ich návrhom na plnenie kritérií) za tú as predmet
   zákazky, na ktorú predloili ponuku.
   IV.3)Administratívne informácie
   IV.3.1)Referenné íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate:
   UP-VO/2015/37385/110855
   IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
   Predbené oznámenie
   íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [8]2015/S 248-451926 z 23.12.2015
   IV.3.3)Podmienky na získanie súaných podkladov a doplujúcich
   dokumentov alebo informatívneho dokumentu
   Lehota na prijímanie iadostí o súané podklady alebo o prístup k
   dokumentom: 16.2.2016 - 10:00
   Spoplatnená dokumentácia: nie
   IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo iadostí o úas
   16.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úas
   vybratým uchádzaom
   IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) mono predklada ponuky alebo
   iadosti o úas
   IV.3.7)Minimálna lehota, poas ktorej sú ponuky uchádzaov viazané
   do: 30.9.2016
   IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
   Dátum: 16.2.2016 - 10:30
   Miesto:
   Mesto Trenín, Mierové nám. . 2, 911 64 Trenín, Slovenská republika.
   Poschodie: prízemie.
   Miestnos: malá zasadacia miestnos v Klientskom centre na Mestskom
   úrade v Treníne.
   Osoby oprávnené zúastni sa na otváraní ponúk: nie
   Oddiel VI: Doplnkové informácie
   VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
   Toto obstarávanie sa bude opakova: nie
   VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
   Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
   Európskej únie: nie
   VI.3)Doplujúce informácie
   1. Skupina dodávateov preukazuje splnenie podmienok úasti vo verejnom
   obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kadého lena skupiny
   osobitne a splnenie podmienok úasti vo verejnom obstarávaní týkajúce
   sa finanného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
   spôsobilosti preukazuje spolone. Splnenie podmienky úasti poda § 26
   ods. 1 písm. f) zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
   zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
   preukazuje len skupiny len vo vzahu k tej asti predmetu
   zákazky,ktorú má zabezpei. Skupina dodávateov môe vyui finanné
   zdroje úastníkov skupiny dodávateov alebo iných osôb poda § 27 ods.
   2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity
   úastníkov skupiny dodávateov alebo iných osôb poda § 28 ods. 2
   zákona o verejnom obstarávaní.
   2. Vetky doklady a dokumenty predloené na preukázanie splnenia
   podmienok úasti musia by predloené verejnému obstarávateovi v
   originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokia
   nie je výslovne uvedené inak.
   3. Komunikácia medzi verejným obstarávateom a záujemcami sa uskutoní
   výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v eskom jazyku.
   4. V prípade, ak ponuková cena uchádzaa pre tú as, na ktorú
   predloil ponuku vrátane DPH (po ukonení elektronickej aukcie) bude
   vyia ako predpokladaná hodnota tejto asti zákazky urená verejným
   obstarávateom s DPH, môe verejný obstarávate povaova takúto ponuku
   za neprijatenú a má právo neprija ju.
   5. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je moné navi poas trvania
   zmluvy v dôsledku registrácie úspeného uchádzaa za platitea DPH.
   6. alie skutonosti sú uvedené v súaných podkladoch.
   7. Pre kadú as zákazky prebehne samostatná aukcia.
   E-aukcie sa budú vykonáva prostredníctvom elektronických zariadení 
   na internetovej adrese: [9]https://trencin.proebiz.com Kontakt na
   administrátora e-aukcie: Ing. Jana Molnárová, e-mail:
   [10]jana.molnarova@trencin.sk, tel. .: +421 911041829. alie
   podrobnosti o el. aukcii (jej priebehu, technických poiadavkách pre
   prístup do elektronickej aukcie, minimálnom kroku zníenia ceny
   uchádzaa v aukcii a pod.) sú uvedené v súaných podkladoch.
   8. Podmienkou pre poskytnutie súaných podkladov je predloenie
   iadosti záujemcu o vydanie súaných podkladov verejnému
   obstarávateovi a to najneskôr v lehote uvedenej v bode IV.3.3. tohoto
   oznámenia (Podmienky na získanie súaných podkladov a doplujúcich
   dokumentov alebo informatívneho dokumentu). Súané podklady je moné
   prevzia si aj osobne na kontaktnom mieste uvedenom v tomto oznámení 
   na adrese: Mesto Trenín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenín, Slovenská
   republika, najneskôr vak do uplynutia lehoty uvedenej v bode IV.3.3.
   tohoto oznámenia u osoby zodpovednej za poskytovanie podkladov  ktorou
   je Mgr. Martina Trenanová. Úradné hodiny podatene verejného
   obstarávatea pre potreby tejto súae: pracovné dni: Po-tv:
   8:0016:30 hod. Pia: 8:0014:00 hod.
   Úradné hodiny verejného obstarávatea, poas ktorých je prítomná osoba
   zodpovedná za vysvetovanie podkladov pre potreby tejto súae:
   Pracovné dni: 8:0014:00 hod.
   iados o vydanie súaných podkladov musí by reálne doruená (stai
   aj mail, fax) v urenej lehote na kontaktné miesto (t. z. nestaí
   odovzda na prepravu, na potu a pod.).
   9. Vzhadom k tomu, e súané podklady majú viac ako 100 strán, budú
   prednostne zasielané záujemcom len mailom v prípade, ak záujemca o
   súané podklady nepoiada vyslovene o ich zaslanie v papierovej
   podobe.
   10. V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
   predpisov oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude
   postupova v zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
   VI.4)Odvolacie konanie
   VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
   Úrad pre verejné obstarávanie
   31797903
   Dunajská 68, P.O.Box 58
   820 04 Bratislava 24
   SLOVENSKO
   Telefón: +421 250264176
   Internetová adresa: [11]http://www.uvo.gov.sk
   Fax: +421 250264219
   VI.4.2)Podanie odvolania
   VI.4.3)Úrad, od ktorého mono získa informácie o podaní odvolania
   Úrad pre verejné obstarávanie
   31797903
   Dunajská 68, P.O.Box 58
   820 04 Bratislava 24
   SLOVENSKO
   Telefón: +421 250264176
   Internetová adresa: [12]http://www.uvo.gov.sk
   Fax: +421 250264219
   VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schaden- oder Verlustversicherungen - PL-Jelenia Góra
Schaden- oder Verlustversicherungen
Mit dem Wetter verbundene Versicherungen
Allgemeine Haftpflichtversicherungen
Dokument Nr...: 5773-2016 (ID: 2016010809123943123)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  PL-Jelenia Góra: Schaden- oder Verlustversicherungen
   2016/S 5/2016 5773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
   ul. Wolnoci 145
   Zu Händen von: Anna Mazurek
   58-500 Jelenia Góra
   POLEN
   Telefon: +48 757648736
   E-Mail: [4]zampub@mzk.jgora.pl
   Fax: +48 757648684
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mzk.jgora.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66515000, 66515400, 66516400
   Beschreibung
   Schaden- oder Verlustversicherungen.
   Mit dem Wetter verbundene Versicherungen.
   Allgemeine Haftpflichtversicherungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 796 942 PLN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia SA
   ul. Hestii 1
   81-731 Sopot
   POLEN
   E-Mail: [6]miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl
   Telefon: +48 566505500
   Fax: +48 566505550
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 725 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 544 342 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Powszechny Zakad Ubezpiecze SA
   ul. Zieliskiego 41
   53-533 Wrocaw
   POLEN
   E-Mail: [7]aberesniewicz@pzu.pl
   Telefon: +48 713083010
   Fax: +48 713083057
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 277 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 252 600 PLN
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 2
References
   4. mailto:zampub@mzk.jgora.pl?subject=TED
   5. http://www.mzk.jgora.pl/
   6. mailto:miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl?subject=TED
   7. mailto:aberesniewicz@pzu.pl?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Jelenia Góra: Usugi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
   2016/S 005-005773
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
   ul. Wolnoci 145
   Osoba do kontaktów: Anna Mazurek
   58-500 Jelenia Góra
   POLSKA
   Tel.: +48 757648736
   E-mail: [6]zampub@mzk.jgora.pl
   Faks: +48 757648684
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mzk.jgora.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Podmiot prawa publicznego
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Ubezpieczenie pojazdów MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z podziaem na
   pakiety.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Siedziba Zamawiajcego: MZK Sp. z o.o. w
   Jeleniej Górze, ul. Wolnoci 145, 58-500 Jelenia Góra.
   Kod NUTS PL5,PL515
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Przedmiotem zamówienia jest usuga ubezpieczenia pojazdów MZK Sp. z
   o.o. w Jeleniej Górze z podziaem na pakiety. Pakiet 1. Ubezpieczenia
   komunikacyjne, pakiet 2. Ubezpieczenia komunikacyjne  12 autobusów.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   66515000, 66515400, 66516400
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 796 942 PLN
   Bez VAT
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 90
   2. Zaakceptowane klauzule dodatkowe. Waga 10
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   PN/12/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 212-386083 z dnia 31.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia SA
   ul. Hestii 1
   81-731 Sopot
   POLSKA
   E-mail: [9]miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl
   Tel.: +48 566505500
   Faks: +48 566505550
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 725 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 544 342 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne  12
   autobusów
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   11.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Powszechny Zakad Ubezpiecze SA
   ul. Zieliskiego 41
   53-533 Wrocaw
   POLSKA
   E-mail: [10]aberesniewicz@pzu.pl
   Tel.: +48 713083010
   Faks: +48 713083057
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 277 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 252 600 PLN
   Bez VAT
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb lat: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587800
   Adres internetowy: [12]http://uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587801
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Urzd Zamówie Publicznych
   ul. Postpu 17
   02-676 Warszawa
   E-mail: [13]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587800
   Adres internetowy: [14]http://uzp.gov.pl
   Faks: +48 224587801
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Eisenbahnmaterial - UK-London
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 5873-2016 (ID: 2016010809140943251)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  UK-London: Eisenbahnmaterial
   2016/S 5/2016 5873
   Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung  Versorgungssektoren
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Commercial  Operations London Underground
   15 Westferry Circus
   Zu Händen von: Trevor Gilbert
   E14 4HD London
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2070384773
   E-Mail: [3]SMNCProject@tfl.gov.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.tfl.gov.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34940000
   Beschreibung
   Eisenbahnmaterial.
   II.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
References
   3. mailto:SMNCProject@tfl.gov.uk?subject=TED
   4. http://www.tfl.gov.uk/
OT: 08/01/2016    S5    - - Supplies - Periodic indicative notice without
   call for competition - Not applicable
   United Kingdom-London: Railway equipment
   2016/S 005-005873
   Periodic indicative notice  utilities
   Supplies
   Directive 2004/17/EC
   This notice is a call for competition: no
   This notice aims at reducing time-limits for receipt of tenders: no
   Section I: Contracting entity
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Commercial  Operations London Underground
   15 Westferry Circus
   For the attention of: Trevor Gilbert
   E14 4HD London
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2070384773
   E-mail: [4]SMNCProject@tfl.gov.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting entity: [5]www.tfl.gov.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   I.2)Main activity
   Railway services
   I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
   entities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
   Automatic Switch and Crossing Inspection Equipment Solutions for use on
   London Underground network.
   II.2)Type of contract
   Supplies
   II.3)Short description of the contract or purchase(s):
   London Underground Limited (LUL) is considering possible approaches to
   the future development and supply of Automatic Switch and Crossing
   Inspection Equipment. The equipment must be able to be mounted and
   towable on either a track trolley or road rail vehicle. LUL is seeking
   to engage with a wide range of suppliers and operators of such
   equipment in order to understand the current market and explore
   opportunities for development.
   Interested parties are requested to express an interest to the
   aforementioned contact point and request a copy of the scope and
   complete the request for information. LUL may at its sole discretion
   enter into further discussion with respondents.
   II.4)Common procurement vocabulary (CPV)
   34940000
   II.5)Scheduled date for start of award procedures and duration of the
   contract
   II.6)Estimated cost and main terms of financing
   II.6.1)Initial estimated cost
   II.6.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.8)Additional information:
   Submission of Expression of Interest via email to
   [6]SMNCProject@tfl.gov.uk no later than 17:00 GMT on the 5.2.2016. Upon
   receiving your expression of interest LUL will provide the scope for
   the Automatic Switch and Crossing Inspection Equipment and a
   questionnaire to be completed by interested parties. For your
   submission to be taken into consideration the questionnaire must be
   submitted to the following email address [7]SMNCProject@tfl.gov.uk no
   later than 17:00 GMT on the 5.2.2016.
   Terms of Market Engagement
   LUL will manage the process in an open and transparent manner to
   maximise the possible benefits. Participation or non participation in
   this market testing will not preclude suppliers or
   disadvantage/advantage any suppliers ability to participate in any
   future procurement activity.
   Direct or non indirect canvassing of any TfL or LUL employee or agent
   by any supplier concerning this requirement or any attempt to procure
   information from any TfL or LUL employee or agent concerning this PIN
   outside of the formal process described in this document may result in
   disqualification of the supplier for consideration of any future
   procurement activity relating to this requirement. No information
   contained within this notice or any communication made between LUL and
   any supplier in connection with this shall be relied upon as
   constituting a contract, agreement or representation that any contract
   shall be offered in accordance with this PIN.
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Estimated total value of supplies or services contract(s)
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör - NO-Trondheim
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Netzausrüstung
Dokument Nr...: 5973-2016 (ID: 2016010809150743350)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
  NO-Trondheim: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
   2016/S 5/2016 5973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   NTNU (The Norwegian University of Science and Technology)
   Zu Händen von: Øystein Moen Skotheim
   7491 Trondheim
   NORWEGEN
   Telefon: +47 73598008
   E-Mail: [4]oystein.skotheim@ntnu.no
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   32000000, 32420000
   Beschreibung
   Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und
   Zubehör.
   Netzausrüstung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Rohde Schwarz Norge AS
   Østensjøveien 34
   0667 Oslo
   NORWEGEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:oystein.skotheim@ntnu.no?subject=TED
OT: 08/01/2016    S5    - - Supplies - Contract award notice - Open
   procedure
   Norway-Trondheim: Radio, television, communication, telecommunication
   and related equipment
   2016/S 005-005973
   Contract award notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   NTNU (The Norwegian University of Science and Technology)
   For the attention of: Øystein Moen Skotheim
   7491 Trondheim
   NORWAY
   Telephone: +47 73598008
   E-mail: [6]oystein.skotheim@ntnu.no
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Education
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   ANSK-0019-15 Network calculator.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   Purchase
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   NTNU Trondheim, Norway.
   NUTS code NO
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   1 x 4 port network calculator, complete.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   32000000, 32420000
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Excluding VAT
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of
   1. Environment. Weighting 10
   2. Technical features, functionality, services etc. Weighting 40
   3. Total price. Weighting 50
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Contract notice
   Notice number in the OJEU: [7]2015/S 064-113637 of 1.4.2015
   Section V: Award of contract
   Contract No: 1 Lot title: Contract
   V.1)Date of contract award decision:
   7.8.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 2
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Rohde Schwarz Norge AS
   Østensjøveien 34
   0667 Oslo
   NORWAY
   V.4)Information on value of contract
   V.5)Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßenarbeiten - CZ-Pardubice
Straßenarbeiten
Dokument Nr...: 6073-2016 (ID: 2016010909013343549)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  CZ-Pardubice: Straßenarbeiten
   2016/S 6/2016 6073
   Pardubický kraj, 70892822, Komenského námstí 125, Oddlení pípravy a
   realizace investic, Zu Händen von: Jaroslav Tom, Pardubice 532 11,
   TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420 466026462. E-Mail:
   jaroslav.tomsu@pardubickykraj.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 7.11.2015, [1]2015/S
   216-393315)
   Betr.:
   CPV:45233140
   Straßenarbeiten
   Anstatt:
   II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
   Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
   Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
   svým souasným stavebn  technickým stavem nepostaující pro silniní
   dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
   nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
   komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
   most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
   odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
   inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je 1 705 m.
   II.8) Dalí informace:
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
   odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
   provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
   muss es heißen:
   II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
   Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
   Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
   svým souasným stavebn-technickým stavem nepostaující pro silniní
   dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
   nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
   komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
   most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
   odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
   inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je cca 1 705
   m.
   II.8) Dalí informace:
   Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
   provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
   Odvodnní úelnosti veejné zakázky:
   a) popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny:
   Realizací veejné zakázky dojde k odstranní nevyhovujícího stavu
   silnice II/315 v úseku Hrádek  prtah a zvýení bezpenosti silniního
   provozu;
   b) popis pedmtu veejné zakázky: Silnice II/315 je významnou spojnicí
   mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve
   staniení km 20,95022,655 je svým souasným stavebn  technickým
   stavem nepostaující pro silniní dopravu. Bude provedena sanace
   konstrukních vrstev vozovky vetn nových asfaltových vrstev, nová
   deová kanalizace pro odvodnní komunikace v prtahu obcí,
   modernizovány píné propustky a silniní most. Pro zvýení bezpenosti
   bude do kritických míst doplnný odpovídající zádrný systém. Budou
   provedeny i nezbytné peloky inenýrských sítí a vegetaní úpravy.
   Celková délka úseku je 1 705 m;
   c) vzájemný vztah pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele:
   Realizací pedmtu veejné zakázky dojde k zajitní TP v rámci
   stávajícího íkového uspoádání a podélného profilu v souladu s
   bezpeností a plynulostí provozu;
   d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky: Pedpokládaný termín
   ukonení realizace pedmtu veejné zakázky je 31.10.2018.
   III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
   odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   .
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393315-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 09/01/2016    S6    - - Stavební práce - Dodatené informace - Nehodící
   se
   eská republika-Pardubice: Práce na stavb silnic
   2016/S 006-006073
   Pardubický kraj, 70892822, Komenského námstí 125, Oddlení pípravy a
   realizace investic, K rukám: Jaroslav Tom, Pardubice 532 11, ESKÁ
   REPUBLIKA. Tel.: +420 466026462. E-mail:
   jaroslav.tomsu@pardubickykraj.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 7.11.2015, [1]2015/S
   216-393315)
   Pedmt:
   CPV:45233140
   Práce na stavb silnic
   Namísto:
   II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
   Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
   Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
   svým souasným stavebn  technickým stavem nepostaující pro silniní
   dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
   nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
   komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
   most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
   odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
   inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je 1 705 m.
   II.8) Dalí informace:
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
   odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
   provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
   tte:
   II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
   Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
   Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
   svým souasným stavebn-technickým stavem nepostaující pro silniní
   dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
   nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
   komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
   most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
   odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
   inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je cca 1 705
   m.
   II.8) Dalí informace:
   Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
   provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
   Odvodnní úelnosti veejné zakázky:
   a) popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny:
   Realizací veejné zakázky dojde k odstranní nevyhovujícího stavu
   silnice II/315 v úseku Hrádek  prtah a zvýení bezpenosti silniního
   provozu;
   b) popis pedmtu veejné zakázky: Silnice II/315 je významnou spojnicí
   mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve
   staniení km 20,95022,655 je svým souasným stavebn  technickým
   stavem nepostaující pro silniní dopravu. Bude provedena sanace
   konstrukních vrstev vozovky vetn nových asfaltových vrstev, nová
   deová kanalizace pro odvodnní komunikace v prtahu obcí,
   modernizovány píné propustky a silniní most. Pro zvýení bezpenosti
   bude do kritických míst doplnný odpovídající zádrný systém. Budou
   provedeny i nezbytné peloky inenýrských sítí a vegetaní úpravy.
   Celková délka úseku je 1 705 m;
   c) vzájemný vztah pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele:
   Realizací pedmtu veejné zakázky dojde k zajitní TP v rámci
   stávajícího íkového uspoádání a podélného profilu v souladu s
   bezpeností a plynulostí provozu;
   d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky: Pedpokládaný termín
   ukonení realizace pedmtu veejné zakázky je 31.10.2018.
   III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
   odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   .
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauinstallationsarbeiten - FR-Clermont-Ferrand
Bauinstallationsarbeiten
Einrichtungen für Schwimmbecken
Betonplatten
Dokument Nr...: 6173-2016 (ID: 2016010909022543637)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  FR-Clermont-Ferrand: Bauinstallationsarbeiten
   2016/S 6/2016 6173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Clermont Communauté
   64 66 avenue de l'Union Soviétique
   Zu Händen von: M. le président
   63007 Clermont-Ferrand
   FRANKREICH
   Telefon: +33 473983400
   Fax: +33 473983401
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [4]http://www.clermontcommunaute.net
   Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.clermontcommunaute.net
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45300000, 43324100, 44114250
   Beschreibung
   Bauinstallationsarbeiten.
   Einrichtungen für Schwimmbecken.
   Betonplatten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: C15-136
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Sarl Systeau
   Avenue Henri Pourrat
   63510 Aulnat
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 222 119,6 EUR
   ohne MwSt
References
   4. http://www.clermontcommunaute.net/
   5. http://www.clermontcommunaute.net/
OT: 09/01/2016    S6    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Clermont-Ferrand: Travaux d'équipement du bâtiment
   2016/S 006-006173
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Clermont Communauté
   64 66 avenue de l'Union Soviétique
   À l'attention de: M. le président
   63007 Clermont-Ferrand
   FRANCE
   Téléphone: +33 473983400
   Fax: +33 473983401
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [6]http://www.clermontcommunaute.net
   Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.clermontcommunaute.net
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS FR724
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Aménagement d'une aire de jeux d'eau à la piscine Androsace à Cournon.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45300000, 43324100, 44114250
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   15t11
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: C15-136
   V.1)Date d'attribution du marché:
   5.1.2016
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Sarl Systeau
   Avenue Henri Pourrat
   63510 Aulnat
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 222 119,6 EUR
   Hors TVA
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Retrouvez cet avis intégral sur URL:
   [8]http://www.clermontcommunaute.net
   commentaires de l'avis d'attribution:  Date de signature: 17.12.2015.
    Modalités de consultation: prendre rendez-vous auprès de M. Luc
   Sanroma, Directeur des Affaires Juridiques de la Commande Publique et
   des Assemblées, au 04.73.98.34.00.
    Date de parution de l'Aapc: plateforme dématérialisée le 12.10.2015,
   La Montagne le 15.10.2015, au Boamp le 13.10.2015.
   visite obligatoire du site objet des travaux.
   modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises (Dce):
   dossiers fournis gratuitement sur Cd Rom
   téléchargés: URL: [9]http://www.marches-publics.info/acheteur/clerco/
   ou peuvent être retirés sur place (9:00-12:00 et 14:00-16:00  5ème
   étage)
   ou demandés par écrit: adresse organisme acheteur
   ou par fax: 04 73 98 36 25 (Direction des affaires juridiques, de la
   commande publique et des assemblées)
   modalités de dépôt des plis: précisées dans le règlement de
   consultation.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
   6 cours Sablon
   63033 Clermont-Ferrand
   FRANCE
   E-mail: [10]greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
   Téléphone: +33 473146100
   Fax: +33 473146122
   Organe chargé des procédures de médiation
   Comité consultatif interrégional du règlement amiable des Litiges
   53 Bd Vivier Merle
   69003 Lyon
   FRANCE
   Téléphone: +33 472770520
   Fax: +33 478928316
   VI.3.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Cf.adresse
   du greffe du tribunal administratif ci-dessus.
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen - FR-Paris
Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
Dokument Nr...: 6273-2016 (ID: 2016010909032043737)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  FR-Paris: Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
   2016/S 6/2016 6273
   Banque de France, 57210489100013, Banque de France 08-1197 DA SAIM, Zu
   Händen von: Madame Fanny Garcia, Paris Cedex 01 75049, FRANKREICH.
   Telefon: +33 142922178. Fax: +33 142925397. E-Mail:
   achats-immo@banque-france.fr
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
   246-446746)
   Betr.:
   CPV:73421000
   Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
   Anstatt:
   II.2.3) Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   muss es heißen:
   II.2.3) Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles (s'il est connu): 2.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446746-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 09/01/2016    S6    - - Fournitures - Informations complémentaires -
   Procédure restreinte
   France-Paris: Développement de matériel de sécurité
   2016/S 006-006273
   Banque de France, 57210489100013, Banque de France 08-1197 DA SAIM, À
   l'attention de: Madame Fanny Garcia, Paris Cedex 01 75049, FRANCE.
   Téléphone: +33 142922178. Fax: +33 142925397. E-mail:
   achats-immo@banque-france.fr
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 19.12.2015,
   [1]2015/S 246-446746)
   Objet:
   CPV:73421000
   Développement de matériel de sécurité
   Au lieu de:
   II.2.3) Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
   Lire:
   II.2.3) Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles (s'il est connu): 2.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Geräte für optische Zeichenerkennung - DE-München
Geräte für optische Zeichenerkennung
Digitale Katasterkarten
Computerbezogene Geräte
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Fotokopiergeräte und Thermokopiergeräte
Scannerzubehör
Scannerdokumentenzuführung
Scannertransparenzadapter
Bildverarbeitungssoftwarepaket
Darstellungs- und Archivierungssystem
Grafiksoftwarepaket
Automatisierungssystem
Softwarepaket für die optische Zeichenerkennung (OCR)
Scannersoftwarepaket
Wartung und Reparatur von Büromaschinen
Reparatur und Wartung von fotografischen Geräten
Reparatur und Wartung von optischen Geräten
Installation von Büromaschinen
Hardwareinstallation
Installation von Datenverarbeitungsanlagen
Wiederherstellung nach Software-Versagen
Help-Desk und Unterstützungsdienste
Softwaretests
Systemunterstützung
Software-Unterstützung
Software-Implementierung
Software-Konfiguration
Software-Wartung und -Reparatur
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Reparatur von Informationstechnologiesoftware
Bereitstellung von Software
Dokument Nr...: 6373-2016 (ID: 2016010909041243831)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  DE-München: Geräte für optische Zeichenerkennung
   2016/S 6/2016 6373
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Landeshauptstadt München, [6]IT@M, Geschäftsbereich Zentrale Dienste,
   Geschäftsleitung, Servicebereich Vergabe
   Marienplatz 8
   Zu Händen von: Renè Gagel
   80331 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [7]itm.vergabe@muenchen.de
   Fax: +49 89-233-784990
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [8]http://www.muenchen.de/
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Bauaktendigitalisierung.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Stadtgebiet der Landeshauptstadt München.
   NUTS-Code DE212
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt
   München, Hauptabteilung IV möchte ihr vorhandenes Fachverfahren
   PRO-LBK, Untermodul eAkte, erweitern.
   Im Rahmen der Erweiterung wird im Referat eine neue Scan-Stelle
   eingerichtet, die die Digitalisierung von Papierdokumenten durchführt.
   Für die Scan-Stelle soll ein neues Scan-System aus Hard- und Software
   zum Einscannen des Posteingangs und der vorhandenen Bauakten beschafft
   werden. Das Scan-System soll zudem über eine XML-Schnittstelle an das
   bestehende Fachverfahren PRO-LBK, Untermodul eAkte, angebunden
   werden, die die Übertragung von gescannten Dokumenten im PDF/a Format
   zusammen mit definierten Metadaten ermöglicht.
   Das hier ausgeschriebene Scan-System besteht aus folgenden
   Bestandteilen:
    2 Dokumentenscanner zum Scannen von Unterlagen der Größe DIN A8 bis
   A3;
    eine zu den oben genannten Dokumentscannern kompatible
   Document-Capture-Software.
   Die gescannten und mit Metadaten versehenen Dokumente müssen per
   Hotfolder-Import in die Document-Capture-Software übertragen werden
   können.
   Zur besseren elektronischen Bearbeitung der Dokumente wird auch das
   vorhandene Fachverfahren angepasst. Diese Anpassungen sind nicht
   Bestandteil dieser Ausschreibung, müssen aber im Rahmen der
   Projektorganisation mit beachtet werden.
   Eine eventueller Bedarf an einem oder mehreren Großformat- oder
   Kart-/Auflichtscannern ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und
   wird erst nach Inbetriebnahme der Document-Capture-Software inkl. der
   Dokumentenscanner evaluiert und danach bei Bereitstellung
   entsprechender Haushaltsmittel gesondert ausgeschrieben.
   Der angegeben Auftragswerte wurde i.S. des § 3 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. §
   3 Abs. 1 S. 2 VgV geschätzt.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30216120, 30221000, 30230000, 30120000, 30121000, 30124500, 30124520,
   30124530, 48328000, 48329000, 48322000, 48921000, 48313000, 48318000,
   50310000, 50344100, 50344000, 51620000, 51611100, 51612000, 72251000,
   72253000, 72254000, 72253200, 72261000, 72263000, 72265000, 72267000,
   72267100, 72267200, 72268000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   1.
   Geschätzter Wert ohne MwSt: 62 000 EUR
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:  Option auf einmalige Verlängerung um 5
   Jahre;
    Option auf Flatrate Systemserice inkl. Verschleißteile;
    Option auf Lizenzerweiterung: Eine Zusatzlizenz zum einmaligen
   Scannen von 100 000 zusätzlichen Seiten der Document-Capture-Software
   bis zu 2 x pro Jahr.
    sowie weitere Leistungen vgl. Leistungsbeschreibung und
   Bewerbungsbedingungen (z. B. Pflegekontingent auf Abruf).
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Zahl der möglichen Verlängerungen: 1
   Voraussichtlicher Zeitrahmen für Folgeaufträge bei verlängerbaren
   Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen:
   in Monaten: 60 (ab Auftragsvergabe)
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Laufzeit in Monaten: 60 (ab Auftragsvergabe)
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Der Zahlungsplan ist im EVB-IT Systemlieferungsvertrag hinterlegt.
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   Keine, aber gesamtschuldnerische Haftung der
   Bewerber-/Bietergemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber ist
   Voraussetzung für Vertragsschluss.
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Hinweis:
   Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
   etc. finden sich in dem Dokument, Bewerbungsbedingungen und
   Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
   Angebotserstellung. Diese werden unter [9]http://www.muenchen.de/vgst3
   zum Download zur Verfügung gestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung
   auf Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer
   auf die genannten Dokumente.
   Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
   darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
   Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
   Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
   der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
   erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
   A.1.1 Dokumente:
   Bitte bestätigen Sie, dass sämtliche Dokumente (z.Bsp. Arbeitspapiere,
   Monatsberichte) in deutscher Sprache verfasst und der LHM in digitaler
   Form (mindestens als *.pdf oder OpenOffice-Formate ab Version 3.x) zur
   Verfügung gestellt werden.
   (Ausschlusskriterium Ja/Nein)
   A1.2 deutsche Sprache
   Bitte bestätigen Sie, dass alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter die
   deutsche Sprache in Wort und Schrift fließend beherrschen und sie im
   Projekt anwenden werden.
   (Ausschlusskriterium Ja/Nein)
   Eigenerklärungen  Vordrucke zur Erstellung des Angebots
   Die in der folgenden, abschließenden Auflistung (vgl. Abschnitt 4.)
   genannten Eigenerklärungen sind dem Angebot beizufügen.
   Dabei ist dem jeweiligen Vordruck zu entnehmen, wer die Erklärung
   auszufüllen hat (Bieter, Nachunternehmer, einzelnes Mitglied der
   Bietergemeinschaft).
   Die Vordrucke müssen die geforderten Angaben enthalten und mit Datum,
   ggf. Firmenstempel und Unterschrift versehen werden. Falls
   erforderlich, können die Angaben auf gesonderten Blättern unter
   zwingender Einhaltung des Schemas des jeweiligen Vordrucks gemacht
   werden. Verweise auf andere Inhalte innerhalb des Angebots oder auf
   Literatur oder Broschüren können unvollständige Angaben auf den
   Vordrucken nicht ersetzen.
   Eigenerklärungen können auch ohne Originalunterschrift (z. B. aufgrund
   der Übermittlung per Fax von einem Nachunternehmer an den
   Generalunternehmer) eingereicht werden. Der Auftraggeber behält sich
   jedoch vor, die Originale unter Fristsetzung nachzufordern. Sollten
   diese dann nicht innerhalb der Frist nachgereicht werden, führt dies
   zum Ausschluss des betreffenden Angebots.
   Liste der Nachweise gem. § 9 EG Abs. 4 VOL/A:
    Erklärung zur Bieterkonstellation;
    Bevollmächtigung der Bietergemeinschaft;
    Übersicht aller Nachunternehmer;
    Erklärung über die Bereitstellung von Ressourcen;
    Zuverlässigkeit / Sozialversicherung;
    Berufshaftpflichtversicherung;
    Erklärung zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit;
    Datenschutzrechtliche Einwilligung;
    Scientology-Schutzerklärung;
    geforderte Daten für das Auskunftsersuchen gem. §19 Abs. 4 MiloG;
    geforderte bzw. gewünschte Zertifikate je Eignungs- und
   Leistungskriterium;
    Erklärung Verbindliches Angebot inkl. Preispositionen.
   Hinweis:
   Die Eigenerklärung 4.5  Berufshaftpflichtversicherung enthält einen
   Mindeststandard:
   Der Auftraggeber fordert eine Berufs- bzw.
   Betriebshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Versicherungaus
   einem Mitgliedsstaat der EU mit folgenden Mindestdeckungssummen
   (Mindeststandard je Schadensfall(Mindeststandard):
   Personenschäden mindestens 1 000 000 EUR;
   Sachschäden mindestens 1 000 000 EUR;
   Vermögensschäden mindestens 500 000 EUR.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Hinweis:
   Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
   etc. finden sich in dem Dokument, Bewerbungsbedingungen und
   Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
   Angebotserstellung. Diese werden unter [10]http://www.muenchen.de/vgst3
   zum Download zur Verfügung gestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung
   auf Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer
   auf die genannten Dokumente.
   Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
   darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
   Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
   Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
   der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
   erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards: A.2.1. Gesamtjahresumsatz:
   Bitte bestätigen Sie, dass der durchschnittliche Gesamtjahresumsatz
   Ihres Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahre mindestens
   500.000,00 Euro netto (Mindeststandard) betragen hat.
   Hinweis: Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz von Nachunternehmern
   werden die Umsatzzahlen addiert, sind jedoch getrennt nach den
   beteiligten Firmen aufzuführen.
   Geben Sie neben der Bestätigung (Ja/Nein) auch die
   Nettoumsatzzahlen Ihres und aller beteiligten Unternehmen für die
   Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014 an.
   Die aufaddierten Umsatzzahlen je Kalenderjahr müssen im Durchschnitt
   mindestens 500 000,00 EUR netto betragen, um den Voraussetzungen für
   dieses Kriterium zu genügen!
   (Ausschlusskriterium Ja/Nein und Angaben von Nettoumsatzzahlen)
   A.2.2.Personal:
   Benennen Sie die Gesamtzahl der fest angestellten Mitarbeiterinnen und
   Mitarbeiter jeweils getrennt für die letzten 3 Geschäftsjahre.
   Gefordert wird hierbei eine Mitarbeiterzahl von jeweils mindestens zehn
   Personen (Mindeststandard).
   Hinweis: Bei Bewerbergemeinschaften und beim Einsatz von
   Nachunternehmern werden die Angaben für die Wertung addiert, sind
   jedoch getrennt nach den beteiligten Firmen aufzuführen.
   (Ausschlusskriterium, Angaben von Mitarbeiterzahlen).
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Hinweis:
   Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
   etc. finden sich in dem DokumentBewerbungsbedingungen und
   Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
   Angebotserstellung. Diese werden unter [11]http://www.muenchen.de/vgst3
   zum Download zur Verfügunggestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung auf
   Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer auf
   die genannten Dokumente.
   Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
   darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
   Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
   Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
   der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
   erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   B.3.1. Referenzprojekte (420 GP):
   Stellen Sie bis zu drei IT-Referenzprojekte bezogen auf den
   Auftragsgegenstand der Digitalisierung von Akten dar.
   Hierbei sollten Projekte bevorzugt bei einem öffentlichem Auftraggeber
   dargestellt werden und die Referenzen sollen nicht älter als 4 Jahre
   ausgehend vom Projektabschluss sein. Gehen Sie dabei auf die
   angewandten Methoden und das spezifische Vorgehen ein. Es muss
   nachvollziehbar sein, wie der Know-How-Transfer erfolgte.
   Geben Sie dazu die in Abschnitt 2.3.1 der Bewerbungsbedingungen
   aufgelisteten Angaben an. Bitte orientieren Sie sich an dieser
   Auflistung. Es müssen sich alle genannten Punkte möglichst in der
   vorgegebenen Reihenfolge wiederfinden.
   Hinweis: die Darstellung sollte möglichst auf einer Seite pro Referenz
   erfolgen und max. 15 DIN A4 Seiten umfassen (max. 5 Seiten DIN A4 pro
   Referenz), Schriftgrad Arial 11 Pkt., Zeilenabstand 1,5.
   Sofern Sie die maximale Seitenzahl überschreiten, werden nur die Seiten
   1  5 pro Referenz bewertet, der Rest bleibt unberücksichtigt. Gleiches
   gilt, wenn in der Referenz auf Anlagen verwiesen wird oder der Referenz
   Anlagen beigefügt sind und in Summe die maximale Seitenzahl
   überschritten wird.
   Angaben, die einer Nachprüfung nicht standhalten, können zum Ausschluss
   des Antrages führen. Es wird der Ansprechpartner des Referenzkunden
   verlangt. Die Benennung des auftragnehmerseitigen Ansprechpartners (z.
   B. Vertriebsbeauftragter) genügt nicht. Die LHM behält sich vor, die
   Referenzen beim angegebenen Referenzkunden zu prüfen.
   Jede, jedoch maximal die ersten drei von Ihnen benannten Referenzen, in
   der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen zu einem Drittel (140
   Gewichtungspunkte) der hier erreichbaren 420 Gewichtungspunkte ein.
   Erfüllgsgrad:
   Sollte das von Ihnen benannte Referenzprojekt älter als 4 Jahre
   ausgehend vom Projektabschluss sein, wird dieses Referenzprojekt
   automatisch mit 0 Eignungspunkten bewertet. Auch wenn es ansonsten alle
   bzw. die andere Erwartungen an den Erfüllungsgrad erfüllt.
   Angabe (4 Punkte)
   Für jede abgegebene und nicht älter als 4 Jahre ausgehend vom
   Projektabschluss alte Referenz werden vier Bewertungspunkte (4 Punkte)
   vergeben.
   Zusätzlich werden pro Referenz folgende Punkte bewertet:
   Branche (max. 0,5 Punkte)
   die Branche ist aus dem öffentlichen Bereich (0,5 Punkte)
   Vergleichbare Hardware (max. 0,5 Punkte)
   die angebotenen Dokumentenscanner wurden eingesetzt (0,5 Punkte)
   Vergleichbare Software (max. 3 Punkte)
    die angebotene Document-Capture-Software wurde eingesetzt (1 Punkt);
    durch den Anbieter geliefert, installiert und konfiguriert (1 Punkt);
    Dokument- und Metadaten wurden über eine Schnittstelle zu einem
   externen Fachverfahren übermittelt (1 Punkt).
   Vergleichbare Mengengerüste (max. 1 Punkt)
   Das jährliche Scanvolumen im Projekt war
   <= 2.000.000 Seiten (0 Punkte)
   <= 3.000.000 Seiten (0,5 Punkte)
   > 3.000.000 Seiten (1 Punkt)
   Mitarbeit im Projekt (max. 1 Punkt)
   Die vom Anbieter im Projekt geleisteten Aufwände beliefen sich auf
   <= 20 PT (0 Punkte)
   > 20 PT (0,5 Punkte)
   > 40 PT (1 Punkt)B.4.1. Profil: IT-Projektleiterin/Projektleiter (200
   GP).
   B.4.1 Profil: Scanspezialistin/Scanspezialist (380 GP)
   Bitte weisen Sie nach, dass Sie für den Ausschreibungsgegenstand eine
   geeignete Scanspezialistin oder einen geeigneten Scanspezialist
   einsetzen können.
   Bitte geben Sie dazu zwei Profile an.
   Erwartet werden langjährige Erfahrung (>= 3 Jahre) bezogen auf den
   Auftragsgegenstand bei
    Installation und Konfiguration von Scanhard- und -software,
    Prozess- und Anforderungsanalyse,
    technische Integrationsberatung sowie
    Fehleranalyse und -behebung.
   Geben Sie dazu jeweils die in Abschnit 2.3.2 der Bewerbungsbedingungen
   aufgelisteten Angaben an und beachten Sie die dortigen verbindlichen
   Hinweise.
   Hinweis:
   Jedes, jedoch maximal die ersten Zwei von Ihnen benannten Profile, in
   der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen mit maximal jeweils
   der Hälfte der erreichbaren Gewichtungspunkte (GP) ein.
   Erfüllungsgrad:
   Firmenzugehörigkeit (max. 2 Punkte)
   bis zu 6 Monate (0 Punkte),
   6-12 Monate (1 Punkt)
   mehr als 12 Monate (2 Punkte)
   Berufserfahrung im Bereich Dokumentendigitalisierung (max. 2 Punkte)
   bis zu 2 Jahren (0,5 Punkte)
   2-3 Jahre (1 Punkte)
   >= 3 Jahre (2 Punkte)
   Referenzprojekte jünger als oder 4 Jahre alt sind und Durchführung von
   (max. 6 Punkte)
    Scanhardware Installation und Konfiguration (1 Punkt)
    angebotene Scansoftware Installation und Konfiguration (2 Punkte)
    Prozess- und Anforderungsanalyse (1 Punkt)
    technische Integrationsberatung (bspw. Schnittstellen zu
   Fachapplikation) (1 Punkt)
    Fehleranalyse und -behebung (1 Punkt)
   Angaben aus Referenzprojekten die älter als 4 Jahre sind, werden bei
   der Wertung nicht berücksichtigt.
   B.4.2. Profil: Trainerin/Trainer
   Bitte weisen Sie nach, dass Sie für den Ausschreibungsgegenstand eine
   geeignete Trainerin oder einen geeigneten Trainer einsetzen können.
   Bitte geben Sie dazu zwei Profile an.
   Erwartet werden Erfahrung (>= 2 Jahre) bezogen auf den
   Auftragsgegenstand bei:
    Konzeption und Durchführung von Schulungen für die angebotene
   Scanhard- und -software gegenüber Scanbearbeitern sowie
   technischen und Fachadministratoren.
   Geben Sie dazu jeweils die in Abschnit 2.3.2 der Bewerbungsbedingungen
   aufgelisteten Angaben an und beachten Sie die dortigen verbindlichen
   Hinweise.
   Hinweis: Jedes, jedoch maximal die ersten zwei von Ihnen benannten
   Profile, in der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen mit
   maximal jeweils der Hälfte der erreichbaren Gewichtungspunkte (GP) ein.
   Erfüllungsgrad:
   Die Firmenzugehörigkeit und/oder nachgewiesene Schulungserfahrung im
   Bereich Dokumentendigitalisierung (max. 4 Punkte)
   bis zu 6 Monate (0 Punkte),
   6-12 Monate (2 Punkte)
   mehr als 12 Monate (4 Punkte)
   Referenzprojekte jünger als oder 4 Jahre alt sind und Durchführung von
   (max. 6 Punkte)
    Schulungen für Scanhardware (2 Punkte)
    Schulungen für die angebotene Scansoftware (3 Punkte)
    Schulungskonzeption für Scanhardware oder -software (1 Punkte)
   Angaben aus Referenzprojekten die älter als 4 Jahre sind, werden bei
   der Wertung nicht berücksichtigt.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
   Dialog aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   ITM-2015-BauDi-DCS
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Sonstige frühere Bekanntmachungen
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [12]2015/S 219-399191 vom 12.11.2015
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [13]2015/S 142-260856 vom 25.7.2015
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   29.2.2016 - 23:59
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 31.5.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Zusätzliche Unterlagen:
   Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
   etc. finden sich in den DokumentenBewerbungsbedingungen und
   Eignungs-/Leistungsanforderungen für die Angebotserstellung. Diese
   werden unter [14]http://www.muenchen.de/vgst3 zum Download zur
   Verfügunggestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung auf Abschnitte
   oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer auf die
   genannten Dokumente.
   Die Bewerbungsbedingungen enthalten darüber hinaus unter anderem
   Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der Angebote, zu den Anforderungen
   bei den jeweiligen Referenzprojekten, Profilen und Kriterien, zur
   maximalen Seitenzahl bei der Darstellung der Referenzprojekte, Profile
   und Kriterien, die Definitionen der erwarteten Erfahrungslevel bzw.
   Erfüllungsgrad bei den Profilen, Kriterien usw..
   Rückfragen:
   Rückfragen sind ausschließlich per eMail an die Kontaktstelle (vgl.
   I.1)) zu richten.
   Bieterfragen:
   Eventuell auftretende Fragen sollen umgehend, jedoch spätestens bis
   17.2.2016 12:00 Uhr an folgende EMail Adresse gesendet werden:
   [15]itm.vergabe@muenchen.de
   Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig
   eingehende Fragen werden gesammelt und zeitnah in Form eines Fragen-
   und Antwortenkataloges im Internet unter der unter I.1 angegebenen
   Internetadresse der Landeshauptstadt München eingestellt.
   Die Bieterfragen und die entsprechenden Antworten werden Bestandteil
   der Vergabeunterlagen.
   Unterstützung des Auftraggebers
   Die Landeshauptstadt München (LHM) wird bei der Durchführung des
   Vergabeverfahrens von Beratungsunternehmen unterstützt.
   Alle eingereichten Unterlagen werden daher auch den beteiligten
   Mitarbeitern dieser Beratungsunternehmen zugänglich gemacht. Diese
   Mitarbeiter unterliegen hinsichtlich aller Informationen zu den
   Bewerbern und zu den Inhalten der Teilnahmeanträge der Bewerber der
   Geheimhaltungspflicht und haben eine entsprechende schriftliche
   Erklärung der Vergabestelle unterzeichnet, die sie nach dem BDSG und
   dem BayDSG verpflichten. Die Einhaltung der Geheimhaltungspflicht ist
   innerhalb des Beratungsunternehmens durch entsprechende
   Compliance-Maßnahmen abgesichert.
   Die LHM trifft alle relevanten Entscheidungen, die dieses Verfahren
   betreffen, selbständig und in alleiniger Verantwortung. Die externen
   Dienstleister schlagen insoweit lediglich die durch Anforderungen
   abzudeckenden Inhalte in objektiver und an den Interessen der LHM
   orientierter Weise vor und überprüfen die vom Auftraggeber
   aufgestellten inhaltlichen Anforderungen insbesondere auf technische
   Sinnhaftigkeit, Realisierbarkeit und Vergaberechtskonformität
   (insbesondere hinsichtlich etwaiger Diskriminierungen,
   Gleichbehandlungsgrundsatz,Transparenz, Produktneutralität etc.).
   Abweichung vom Grundsatz der Losbildung
   Die Landeshauptstadt München ist sich des Umstandes bewusst, dass sie
   als öffentlicher Auftraggeber nach
   § 2 EG Abs. 2 Satz 2 VOL/A den Beschaffungsgegentand im Grundsatz nach
   Fach- und Teillosen getrennt
   vergeben muss. Unter einem Teillos versteht man dabei die Aufteilung in
   mengenmäßiger oder räumlicher
   Hinsicht, während das Fachlos auf die Aufteilung in verschiedene
   Leistungsarten, Gewerbezweige oder
   Fachgebiete abzielt. Insofern ist weiter zu beachten, dass die
   Forderung nach der Bildung von Teil- und auch
   Fachlosen selbständig nebeneinander steht und damit grundsätzlich
   sowohl Teil- als auch Fachlose zu bilden
   sind.
   Eine Abweichung vom Grundsatz der Losbildung ist nur zulässig, wenn
   wirtschaftliche oder technische Gründe
   dies erfordern. Es wurde überprüft, ob die Bildung von Losen zu einem
   unverhältnismäßig hohen finanziellen
   Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
   Aufträgen und Störungen führen
   würde.
   Von der Bildung von Fachlosen wurde bei der vorliegenden Ausschreibung
   abgesehen, da der Hardware-
   Leistungsgegenstand zwingend mit der Document-Capture-Software
   kompatibel sein muss und potentielle Bieter somit
   das gesamte Aufgabenspektrum übernehmen müssen. Zudem müssen die
   einzelnen Schritte nahtlos ohne
   Verzögerung fortgesetzt werden.
   Außerdem bestehen schon aufgrund von Urheber- und Nutzungsrechten
   faktische und rechtliche Restriktionenseitens des Softwareanbieters,
   die eine Erbringung von Customizing- und Pflegeleistungen durch Dritte
   augenscheinlich unmöglich machen.
   Auf die Bildung von Teillosen wurde u. a. verzichtet, da
   mittelständische Interessen schon aufgrund des
   Auftragsvolumens gewahrt sind.
   Nach Abwägung aller für und gegen sprechenden Argumente überwiegen aus
   Sicht der Landeshauptstadt
   München klar die Argumente gegen eine Aufteilung nach Losen. Die
   Leistung wird daher im Wege einer
   Gesamtvergabe ausgeschrieben.
   Mit Abgabe eines Angebots erklären sich die Bieter mit dieser
   Vorgehensweise einverstanden.
   Hinweis zum geschätzten Höchst-(Auftrags-)Wert ohne MwSt in Abschnitt
   II.2.1 gemäß § 3 Abs. 4 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2
   der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
   (Vergabeverordnung  VgV):
   Der Wert wurde aus den unter II.2.2. genannten Optionen (über die
   gesamte max. Vertragslaufzeit von 10 Jahren) und den geschätzten Kosten
   innerhalb der ersten 48 Monate gebildet.
   Eine eventueller Bedarf an einem oder mehreren Großformat- oder
   Kart-/Auflichtscannern ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und
   wird erst nach Inbetriebnahme der Document-Capture-Software inkl. der
   Dokumentenscanner evaluiert und danach bei Bereitstellung
   entsprechender Haushaltsmittel gesondert ausgeschrieben.
   Zur besseren elektronischen Bearbeitung der Dokumente wird auch das
   vorhandene Fachverfahren angepasst. Diese Anpassungen sind nicht
   Bestandteil dieser Ausschreibung, müssen aber im Rahmen von
   Schnittstellenanpassungen (Beschreibung, Konfiguration) mit beachtet
   werden.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Regierung von Oberbayern  Vergabekammer Südbayern
   80534 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [16]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Fax: +49 8921762847
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es
   wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das
   hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften,
   die sie erkannt haben gegenüber der Vergabestelle unverzüglich, das
   heißt ohne schuldhaftes Zögern, zu rügen haben und weiterhin Verstöße
   gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar
   sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der Frist zur
   Angebotsabgabe gegenüber der Vergabestelle zu rügen sind (vgl. § 107
   Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 GWB), damit die Bieter für den Fall, dass
   der Rüge nicht abgeholfen wird, ein Nachprüfungsverfahren vor der
   Vergabekammer anstreben können.
   Sofern die Vergabestelle einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht
   abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb von längstens 15
   Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle
   diesbezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten
   (vgl. § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Regierung von Oberbayern  Vergabekammer Südbayern
   80534 München
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [17]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Fax: +49 8921762847
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   7.1.2016
References
   6. mailto:IT@M?subject=TED
   7. mailto:itm.vergabe@muenchen.de?subject=TED
   8. http://www.muenchen.de/
   9. http://www.muenchen.de/vgst3
  10. http://www.muenchen.de/vgst3
  11. http://www.muenchen.de/vgst3
  12. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399191-2015:TEXT:DE:HTML
  13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260856-2015:TEXT:DE:HTML
  14. http://www.muenchen.de/vgst3
  15. mailto:itm.vergabe@muenchen.de?subject=TED
  16. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
  17. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - HU-Nyíregyháza
Elektrizität
Dokument Nr...: 6473-2016 (ID: 2016010909051743943)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  HU-Nyíregyháza: Elektrizität
   2016/S 6/2016 6473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   NYÍRVV  Nyíregyházi Városüzemeltet és Vagyonkezel Nonprofit Kft.
   AK05774
   Tüzér u. 24.
   Kontaktstelle(n): NYÍRVV Nonprofit Kft.
   Zu Händen von: Szalai István, mszaki igazgató
   4400 Nyíregyháza
   UNGARN
   Telefon: +36 42548460
   E-Mail: [4]varosuzemeltetes@nyirvv.hu
   Fax: +36 42548461
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.nyirvv.hu
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   09310000
   Beschreibung
   Elektrizität.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 340 724 048 HUF
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 01 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 90 015 659 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 02 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 96 027 874 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 03 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 867 137 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 04 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 8 704 826 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 05 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 652 510 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 06 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 81 562 905 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 07 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 7 925 941 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 08 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 723 038 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 09 Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 350 163 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 886 811 HUF
   ohne MwSt
   Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   UNGARN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 007 184 HUF
   ohne MwSt
References
   4. mailto:varosuzemeltetes@nyirvv.hu?subject=TED
   5. http://www.nyirvv.hu/
OT: 09/01/2016    S6    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás
   eredményérl - Nyílt eljárás
   Magyarország-Nyíregyháza: Villamos energia
   2016/S 006-006473
   Tájékoztató az eljárás eredményérl
   Árubeszerzés
   2004/18/EK irányelv
   I. szakasz: Ajánlatkér
   I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
   NYÍRVV  Nyíregyházi Városüzemeltet és Vagyonkezel Nonprofit Kft.
   AK05774
   Tüzér u. 24.
   Kapcsolattartási pont(ok): NYÍRVV Nonprofit Kft.
   Címzett: Szalai István, mszaki igazgató
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Telefon: +36 42548460
   E-mail: [6]varosuzemeltetes@nyirvv.hu
   Fax: +36 42548461
   Internetcím(ek):
   Az ajánlatkér általános címe: [7]www.nyirvv.hu
   I.2)Az ajánlatkér típusa
   Közjogi intézmény
   I.3)F tevékenység
   Általános közszolgáltatások
   I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
   Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
   AK05767
   Kossuth tér 1.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
   AK05766
   Kossuth tér 1.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Sóstó-gyógyfürdk Zrt.
   AK11020
   Szódaház u. 18.
   4431 Nyíregyháza-Sóstófürd
   MAGYARORSZÁG
   Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
   AK19254
   Bessenyei tér 13.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
   Ak16984
   Bokréta u. 22.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Nyíregyházi Távhszolgáltató Kft.
   AK05773
   Népkert u. 12.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
   Ak18021
   Sóstói u. 24.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
   AK22242
   Pazonyi tér 5.
   4400 Nyíregyháza
   MAGYARORSZÁG
   II. szakasz: A szerzdés tárgya
   II.1)Meghatározás
   II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
   Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
   Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az
   önkormányzati tulajdonú  az ajánlati felhívásban meghatározott 
   gazdasági társaságok részére.
   II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   A teljesítés helye: Nyíregyháza közigazgatási területén lév
   fogyasztási helyek részletes felsorolását a dokumentáció tartalmazza.
   NUTS-kód HU323
   II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
   vonatkozó információk
   II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
   Villamosenergia-adásvételi szerzdés.
   II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
   09310000
   II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
   A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
   igen
   II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
   Érték: 340 724 048 HUF
   Áfa nélkül
   IV. szakasz: Eljárás
   IV.1)Az eljárás fajtája
   IV.1.1)Az eljárás fajtája
   Nyílt
   IV.2)Bírálati szempontok
   IV.2.1)Bírálati szempontok
   A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
   IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
   Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
   IV.3)Adminisztratív információk
   IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
   IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
   Ajánlati/részvételi felhívás
   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 202-365817 17.10.2015
   V. szakasz: Az eljárás eredménye
   A szerzdés száma: 01 Rész száma: 1 - Elnevezés: 01. rész: 4 924 809
   kWh + 30 %/év villamos energia szállítása közvilágítás ellátására a
   NYÍRVV Nonprofit Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 90 015 659 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 02 Rész száma: 2 - Elnevezés: 02. rész: 4 523 429
   kWh + 30 %/év villamos energia szállítása közintézmények, a NYÍRVV
   Nonprofit Kft. székhelye, telephelyei és egyéb vételezési helyek
   számára
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 96 027 874 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 03 Rész száma: 3 - Elnevezés: 03. rész: 268 962 kWh
   + 30 %/év nem lakáscélú fogyasztási helyek villamos energia ellátása a
   NYÍRVV Nonprofit Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 5 867 137 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 04 Rész száma: 4 - Elnevezés: 04. rész: 408 080 kWh
   + 30 %/év villamos energia szállítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város
   Polgármesteri Hivatala részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 8 704 826 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 05 Rész száma: 5 - Elnevezés: 05. rész: 29 216 kWh +
   30 %/év villamos energia szállítása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
   Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kert köz 6. szám alatti fogyasztási
   helye részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 652 510 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 06 Rész száma: 6 - Elnevezés: 06. rész: 4 050 400
   kWh + 30 %/év villamos energia szállítása a Sóstó Gyógyfürdk Zrt.
   részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 81 562 905 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 07 Rész száma: 7 - Elnevezés: 07. rész: 378 453 kWh
   + 30 %/év villamos energia szállítása a Móricz Zsigmond Színház
   Nonprofit Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 7 925 941 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 08 Rész száma: 8 - Elnevezés: 08. rész: 1 774 000
   kWh + 30 %/év villamos energia szállítása a Nyírtávh Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 35 723 038 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 09 Rész száma: 9 - Elnevezés: 09. rész: 259 000 kWh
   + 30 %/év villamos energia szállítása a Térségi Hulladékgazdálkodási
   Nonprofit Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 02
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 5 350 163 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 10 Rész száma: 10 - Elnevezés: 10. rész: 284 979 KWh
   + 30 %/év villamosenergia szállítása a Nyíregyházi Sportcentrum
   Nonprofit Kft. részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 5 886 811 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   A szerzdés száma: 11 Rész száma: 11 - Elnevezés: 11. rész: 145 577 Kwh
   + 30 %/év villamosenergia szállítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
   Temetkezési Vállalat részére
   V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
   7.12.2015
   V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
   A beérkezett ajánlatok száma: 2
   V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
   E.On Energiakereskedelmi Kft.
   Széchenyi I. tér 78.
   1051 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
   A szerzdés végleges összértéke:
   Érték: 3 007 184 HUF
   Áfa nélkül
   V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
   Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
   teljesítéséhez: nem
   VI. szakasz: Kiegészít információk
   VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
   A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
   programmal kapcsolatos: nem
   VI.2)További információk:
   A 92/2011. (XII.30.) NFM-rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
    a nyertes ajánlattevnek a kis- és középvállalkozásokról, fejldésük
   támogatásáról szóló törvény szerinti minsítése: egyéb.
   Az eljárás valamennyi rész vonatkozásában eredményesen zárult.
   Az ajánlattev neve, címe:
    E.On Energiakereskedelmi Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér
   78., fax: +36 13275532, e-mail: [9]istvan.fenyvesi@eon-hungaria.com,
    Magyar Áramszolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci u. 7274., fax: +36
   12382037, e-mail: [10]andrea.antal@masz.co.hu e-mail:
   [11]emegyeri@mvmp.hu
   Valamennyi rész vonatkozásában a fentiekben felsorolt ajánlattevk
   nyújtottak be ajánlatot.
   VI.3)Jogorvoslati eljárás
   VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
   Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 118828594
   Fax: +36 118828593
   VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
   információ: Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
   VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
   következ szervtl szerezhet be
   Közbeszerzési Döntbizottság
   Riadó u. 5.
   1026 Budapest
   MAGYARORSZÁG
   E-mail: [13]dontobizottsag@kt.hu
   Telefon: +36 118828594
   Fax: +36 118828593
   VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Operationstechnik - LT-Kaunas
Operationstechnik
Dokument Nr...: 6573-2016 (ID: 2016010909061444035)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  LT-Kaunas: Operationstechnik
   2016/S 6/2016 6573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin vieoji staiga Kauno
   klinikos (Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno
   klinikos)
   135163499
   Eiveni g. 2
   Zu Händen von: Evelinai Pukei
   LT-50009 Kaunas
   LITAUEN
   Telefon: +370 37787360
   E-Mail: [4]evelina.puke@kaunoklinikos.lt
   Fax: +370 37326427
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.kaunoklinikos.lt
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33160000
   Beschreibung
   Operationstechnik.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 57 838 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   UAB Ilsanta
   110498671
   Gedimino pr. 45-5
   LT-01109 Vilnius
   LITAUEN
   Telefon: +370 52701222
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 37 994 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   UAB Ilsanta
   110498671
   Gedimino pr. 45-5
   LT-Vilnius
   LITAUEN
   Telefon: +370 52701222
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 844 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
References
   4. mailto:evelina.puke@kaunoklinikos.lt?subject=TED
   5. http://www.kaunoklinikos.lt/
   6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 09/01/2016    S6    - - Preks - Skelbimas apie sutarties sudarym -
   Atviras konkursas
   Lietuva-Kaunas: Operacini technin ranga
   2016/S 006-006573
   Skelbimas apie sutarties sudarym
   Preks
   Direktyva 2004/18/EB
   I dalis: Perkanioji organizacija
   I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
   Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin vieoji staiga Kauno
   klinikos (Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno
   klinikos)
   135163499
   Eiveni g. 2
   Kam: Evelinai Pukei
   LT-50009 Kaunas
   LIETUVA
   Telefonas: +370 37787360
   El. patas: [6]evelina.puke@kaunoklinikos.lt
   Faksas: +370 37326427
   Interneto adresas(-ai):
   Pagrindinis perkaniosios organizacijos adresas:
   [7]http://www.kaunoklinikos.lt
   Elektronin prieiga prie informacijos:
   [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
   teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
   I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
   staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
   I.3)Pagrindin veikla
   Sveikata
   I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij vardu
   Perkanioji organizacija perka kit perkanij organizacij vardu: ne
   II dalis: Sutarties objektas
   II.1)Apraymas
   II.1.1)Sutariai suteiktas pavadinimas
   Operacinis stalas ir operacin lempa.
   II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
   teikimo vieta
   Preks
   Pirkimas
   Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
   Onkologijos ligonin, Volungi g. 16, Kaunas.
   NUTS kodas
   II.1.3)Informacija apie preliminarj susitarim arba dinamin pirkimo
   sistem (DPS)
   II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas
   Operacinis stalas ir operacin lempa.
   II.1.5)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
   33160000
   II.1.6)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
   Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
   II.2)Bendra galutin sutarties(-i) vert
   II.2.1)Bendra galutin sutarties(-i) vert
   Vert: 57 838 EUR
   Su PVM. PVM tarifas (%) 21
   IV dalis: Procedra
   IV.1)Procedros tipas
   IV.1.1)Procedros tipas
   Atvira procedra
   IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
   IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
   Maiausia kaina
   IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
   Surengtas elektroninis aukcionas: ne
   IV.3)Administracin informacija
   IV.3.1)Perkaniosios organizacijos priskirtas bylos numeris
   IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
   Iankstinis informacinis skelbimas
   Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [10]2015/S
   028-046593 10.2.2015
   Skelbimas apie pirkim
   Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [11]2015/S
   147-270124 1.8.2015
   V dalis: Sutarties sudarymas
   Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:
   Operacinis stalas
   V.1)Sprendimo dl sutarties sudarymo primimo data:
   26.11.2015
   V.2)Informacija apie pasilymus
   Gaut pasilym skaiius: 1
   V.3)kio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutart,
   pavadinimas (vardas ir pavard) ir adresas
   UAB Ilsanta
   110498671
   Gedimino pr. 45-5
   LT-01109 Vilnius
   LIETUVA
   Telefonas: +370 52701222
   V.4)Informacija apie sutarties vert
   Bendra galutin sutarties vert:
   Vert: 37 994 EUR
   Su PVM. PVM tarifas (%) 21
   V.5)Informacija apie subrangos sutari sudarym
   Tiktina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
   Sutartis Nr: 2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas:
   Operacin lempa
   V.1)Sprendimo dl sutarties sudarymo primimo data:
   15.12.2015
   V.2)Informacija apie pasilymus
   Gaut pasilym skaiius: 4
   V.3)kio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutart,
   pavadinimas (vardas ir pavard) ir adresas
   UAB Ilsanta
   110498671
   Gedimino pr. 45-5
   LT-Vilnius
   LIETUVA
   Telefonas: +370 52701222
   V.4)Informacija apie sutarties vert
   Bendra galutin sutarties vert:
   Vert: 19 844 EUR
   Su PVM. PVM tarifas (%) 21
   V.5)Informacija apie subrangos sutari sudarym
   Tiktina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
   VI dalis: Papildoma informacija
   VI.1)Informacija apie Europos Sjungos fondus
   Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
   Europos Sjungos fond lomis: ne
   VI.2)Papildoma informacija:
   VI.3)Skund pateikimo procedra
   VI.3.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
   VI.3.2)Skund pateikimas
   VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
   VI.4)io skelbimo isiuntimo data:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigung von Unterkünften - DK-Kolding
Reinigung von Unterkünften
Dokument Nr...: 6673-2016 (ID: 2016010909071144136)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  DK-Kolding: Reinigung von Unterkünften
   2016/S 6/2016 6673
   Indkøbsfællesskabet IFIRS, c/o Hansenberg, Skovvangen 28, Zu Händen
   von: Anders Lovén, Kolding 6000, DÄNEMARK. Telefon: +45 40112742.
   E-Mail: alo@ifirs.dk
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.12.2015, [1]2015/S
   249-455198)
   Betr.:
   CPV:90911100, 90911100
   Reinigung von Unterkünften
   Reinigung von Unterkünften
   Anstatt:
   I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
   AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
   CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
   Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
   Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
   Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
   Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
   Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
   VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg
   Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
   II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
   Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
   anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 10 skoler fordelt på
   adresser i hele landet.
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
   vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
   Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
   m.m. hos 10 uddannelsesinstitutioner  i alt ca. 177.570 m2.
   Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
   tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
   31. juli 2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de
   enkelte delaftaler.
   Skolerne er beliggende på følgende adresser:
   AMU Vest (Delaftale 1)
   Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8.308 m2)
   CELF (Delaftale 2)
   Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15.013 m2)
   Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m2)
   Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8.769 m2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12.712 m2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1.413 m2)
   Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
   Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4.900 m2)
   Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3.900 m2)
   Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8.000 m2)
   Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Østergade 53, 6400 Sønderborg
   Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
   Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14.633 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5.112 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2.218 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m2)
   Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2.000 m2)
   Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
   Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10.000 m2)
   Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
   Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8.000 m2)
   Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
   Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25.551 m2)
   Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10.086 m2)
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m2)
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3.513 m2)
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10.682 m2)
   VUC Vest (Delaftale 9)
   Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8.182 m2)
   Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2.000 m2)
   Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Delaftale 10)
   Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N (ca. 11.000 m2
   Opgaven er opdelt i 10 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
   Procedure:
   Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
   Mercell Danmark A/S.
   For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
   [2]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
   opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
   du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
   registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
   videre deltagelse og er uden omkostninger.
   Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
   udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [3]www.mercell.dk
   indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
   tilbud/ansøgning.
   Oplysninger om delaftaler:
   Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
   6705 Esbjerg Ø.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.308 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
   følgende adresser:
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
    Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
    Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
    Søvej 6, 4900 Nakskov
    Søvej 6, 4900 Nakskov.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 38.576 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
   adresser:
    Gl. Landevej 2, 7400 Herning
    Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.800 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
   adresser:
    Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
    Østergade 53, 6400 Sønderborg.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, laboratorier og autoværksted m.m.) hos
   Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
    Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 24.682 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000
   Kolding.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160
   Tørring.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
   Holstebro på følgende adresser:
   Døesvej 70, 7500 Holstebro
   Døesvej 76, 7500 Holstebro
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 50.022 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
    Stormgade 47, 6700 Esbjerg
    Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10.182 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Social- og Sundhedsskolen Esbjerg,
   Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 11.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   muss es heißen:
   I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
   AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
   CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
   Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
   Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
   Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
   Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
   Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
   VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.
   II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
   Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
   anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 9 skoler fordelt på
   adresser i hele landet.
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
   vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
   Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
   m.m. hos 9 uddannelsesinstitutioner  i alt ca. 166 570 m^2.
   Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
   tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
   31.7.2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de enkelte
   delaftaler.
   Skolerne er beliggende på følgende adresser:
   AMU Vest (Delaftale 1)
   Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8 308 m^2)
   CELF (Delaftale 2)
   Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15 013 m^2)
   Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m^2)
   Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8 769 m^2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12 712 m^2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1 413 m^2)
   Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
   Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4 900 m^2)
   Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3 900 m^2)
   Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8 000 m^2)
   Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Østergade 53, 6400 Sønderborg
   Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
   Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14 633 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5 112 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2 218 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2 000 m^2)
   Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
   Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10 000 m^2)
   Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
   Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8 000 m^2)
   Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
   Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25 551 m^2)
   Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10 086 m^2)
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m^2)
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3 513 m^2)
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10 682 m^2)
   VUC Vest (Delaftale 9)
   Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8 182 m^2)
   Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2 000 m^2)
   Opgaven er opdelt i 9 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
   Procedure:
   Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
   Mercell Danmark A/S.
   For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
   [4]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
   opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
   du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
   registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
   videre deltagelse og er uden omkostninger.
   Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
   udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [5]www.mercell.dk
   indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
   tilbud/ansøgning.
   Oplysninger om delaftaler:
   Delaftale nr.: 1  Betegnelse: AMU Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
   6705 Esbjerg Ø.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 308 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 2  Betegnelse: CELF
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
   følgende adresser:
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
    Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
    Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
    Søvej 6, 4900 Nakskov
    Søvej 6, 4900 Nakskov.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 38 576 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 3  Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
   adresser:
    Gl. Landevej 2, 7400 Herning
    Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 800 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 4  Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
   adresser:
    Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
    Østergade 53, 6400 Sønderborg.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 5  Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, laboratorier og autoværkstedm.m.) hos
   Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
    Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 24 682 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 6  Betegnelse: Kolding Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium,Skovvangen 10, 6000
   Kolding.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 7  Betegnelse: Tørring Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium,Kirkevej 20, 7160
   Tørring.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 8  Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
   Holstebro på følgende adresser:
    Døesvej 70, 7500 Holstebro
    Døesvej 76, 7500 Holstebro
    Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
    Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
    Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 50 022 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 9  Betegnelse: VUC Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
    Stormgade 47, 6700 Esbjerg
    Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10 182 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Weitere zusätzliche Informationen
   Delaftale 10  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg  udgår af nærværende
   udbud.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455198-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://permalink.mercell.com/55389021.aspx
   3. http://www.mercell.dk/
   4. http://permalink.mercell.com/55389021.aspx
   5. http://www.mercell.dk/
OT: 09/01/2016    S6    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger -
   Begrænset udbud
   Danmark-Kolding: Rengøring af lokaler
   2016/S 006-006673
   Indkøbsfællesskabet IFIRS, c/o Hansenberg, Skovvangen 28, Att: Anders
   Lovén, Kolding 6000, DANMARK. Telefon: +45 40112742. Mailadresse:
   alo@ifirs.dk
   (Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 24.12.2015, [1]2015/S
   249-455198)
   Vedr:
   CPV:90911100, 90911100
   Rengøring af lokaler
   Rengøring af lokaler
   I stedet for:
   I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
   AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
   CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
   Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
   Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
   Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
   Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
   Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
   VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg
   Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
   II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
   Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
   anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 10 skoler fordelt på
   adresser i hele landet.
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
   vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
   Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
   m.m. hos 10 uddannelsesinstitutioner  i alt ca. 177.570 m2.
   Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
   tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
   31. juli 2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de
   enkelte delaftaler.
   Skolerne er beliggende på følgende adresser:
   AMU Vest (Delaftale 1)
   Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8.308 m2)
   CELF (Delaftale 2)
   Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15.013 m2)
   Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m2)
   Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8.769 m2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12.712 m2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1.413 m2)
   Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
   Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4.900 m2)
   Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3.900 m2)
   Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8.000 m2)
   Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Østergade 53, 6400 Sønderborg
   Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
   Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14.633 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5.112 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2.218 m2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m2)
   Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2.000 m2)
   Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
   Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10.000 m2)
   Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
   Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8.000 m2)
   Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
   Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25.551 m2)
   Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10.086 m2)
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m2)
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3.513 m2)
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10.682 m2)
   VUC Vest (Delaftale 9)
   Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8.182 m2)
   Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2.000 m2)
   Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Delaftale 10)
   Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N (ca. 11.000 m2
   Opgaven er opdelt i 10 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
   Procedure:
   Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
   Mercell Danmark A/S.
   For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
   [2]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
   opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
   du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
   registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
   videre deltagelse og er uden omkostninger.
   Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
   udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [3]www.mercell.dk
   indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
   tilbud/ansøgning.
   Oplysninger om delaftaler:
   Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
   6705 Esbjerg Ø.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.308 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
   følgende adresser:
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
    Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
    Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
    Søvej 6, 4900 Nakskov
    Søvej 6, 4900 Nakskov.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 38.576 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
   adresser:
    Gl. Landevej 2, 7400 Herning
    Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.800 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
   adresser:
    Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
    Østergade 53, 6400 Sønderborg.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, laboratorier og autoværksted m.m.) hos
   Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
    Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 24.682 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000
   Kolding.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160
   Tørring.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
   Holstebro på følgende adresser:
   Døesvej 70, 7500 Holstebro
   Døesvej 76, 7500 Holstebro
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 50.022 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
    Stormgade 47, 6700 Esbjerg
    Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10.182 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
   Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Social- og Sundhedsskolen Esbjerg,
   Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 11.000 m².
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
   Læses:
   I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
   AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
   CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
   Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
   Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
   Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
   Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
   Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
   VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.
   II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
   bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
   Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
   anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 9 skoler fordelt på
   adresser i hele landet.
   II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
   Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
   vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
   Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
   m.m. hos 9 uddannelsesinstitutioner  i alt ca. 166 570 m^2.
   Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
   tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
   31.7.2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de enkelte
   delaftaler.
   Skolerne er beliggende på følgende adresser:
   AMU Vest (Delaftale 1)
   Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8 308 m^2)
   CELF (Delaftale 2)
   Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15 013 m^2)
   Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m^2)
   Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8 769 m^2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12 712 m^2)
   Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1 413 m^2)
   Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
   Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4 900 m^2)
   Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3 900 m^2)
   Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8 000 m^2)
   Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
   Østergade 53, 6400 Sønderborg
   Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
   Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14 633 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5 112 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2 218 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m^2)
   Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2 000 m^2)
   Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
   Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10 000 m^2)
   Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
   Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8 000 m^2)
   Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
   Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25 551 m^2)
   Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10 086 m^2)
   Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m^2)
   Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3 513 m^2)
   Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10 682 m^2)
   VUC Vest (Delaftale 9)
   Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8 182 m^2)
   Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2 000 m^2)
   Opgaven er opdelt i 9 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
   Procedure:
   Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
   Mercell Danmark A/S.
   For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
   [4]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
   opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
   du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
   registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
   videre deltagelse og er uden omkostninger.
   Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
   udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [5]www.mercell.dk
   indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
   tilbud/ansøgning.
   Oplysninger om delaftaler:
   Delaftale nr.: 1  Betegnelse: AMU Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
   6705 Esbjerg Ø.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 308 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 2  Betegnelse: CELF
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
   følgende adresser:
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
    Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
    Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
    Søvej 6, 4900 Nakskov
    Søvej 6, 4900 Nakskov.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 38 576 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 3  Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
   adresser:
    Gl. Landevej 2, 7400 Herning
    Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 800 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 4  Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
   adresser:
    Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
    Østergade 53, 6400 Sønderborg.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 5  Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, laboratorier og autoværkstedm.m.) hos
   Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
    Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
    Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 24 682 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 6  Betegnelse: Kolding Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium,Skovvangen 10, 6000
   Kolding.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 7  Betegnelse: Tørring Gymnasium
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium,Kirkevej 20, 7160
   Tørring.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 8 000 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
   Delaftale nr.: 8  Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
   Holstebro på følgende adresser:
    Døesvej 70, 7500 Holstebro
    Døesvej 76, 7500 Holstebro
    Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
    Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
    Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 50 022 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Delaftale nr.: 9  Betegnelse: VUC Vest
   1) Kort beskrivelse
   Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
   administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
    Stormgade 47, 6700 Esbjerg
    Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
   2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
   90911100
   3) Mængde eller omfang
   Ca. 10 182 m^2.
   4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
   start/færdiggørelse
   Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
   5) Yderligere oplysninger om delaftaler
   Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
   udvælges til at byde på flere delaftaler.
   Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
   Yderligere supplerende oplysninger
   Delaftale 10  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg  udgår af nærværende
   udbud.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - CZ-Prag
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 673-2016 (ID: 2016010209312837964)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  CZ-Prag: Reinigungsdienste
   2016/S 1/2016 673
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ústav pro péi o matku a dít
   00023698
   Podolské nábeí 157/36
   Zu Händen von: Gabriela Kalousková
   147 00 Praha
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 296511813
   E-Mail: [4]gabriela.kalouskova@upmd.eu
   Fax: +420 296511505
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.upmd.cz
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90910000
   Beschreibung
   Reinigungsdienste.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Tschechisch.
References
   4. mailto:gabriela.kalouskova@upmd.eu?subject=TED
   5. http://www.upmd.cz/
   6. https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
OT: 02/01/2016    S1    - - Sluby - Oznámení zadávacího ízení - Otevené
   ízení
   eská republika-Praha: Úklidové sluby
   2016/S 001-000673
   Oznámení o zakázce
   Sluby
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   Ústav pro péi o matku a dít
   00023698
   Podolské nábeí 157/36
   K rukám: Gabriela Kalousková
   147 00 Praha
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 296511813
   E-mail: [6]gabriela.kalouskova@upmd.eu
   Fax: +420 296511505
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.upmd.cz
   Adresa profilu kupujícího:
   [8]https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
   Dalí informace lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
   Zadávací dokumentaci a dalí dokumenty (vetn dokument k soutnímu
   dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výe uvedená
   kontaktní místa
   Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány: na výe uvedená
   kontaktní místa
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Celostátní i federální úad/agentura
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   Zdravotnictví
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
   Zajitní komplexních úklidových slueb pro Ústav pro péi o matku a
   dít 2015 II.
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Sluby
   Kategorie slueb . 14: Úklidové sluby a domovní správa
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
   Podolské nábeí 157/36, 147 00 Praha 4.
   Kód NUTS CZ010
   II.1.3)Informace o veejné zakázce, rámcové smlouv nebo dynamickém
   nákupním systému (DNS)
   Oznámení se týká veejné zakázky
   II.1.4)Informace o rámcové smlouv
   II.1.5)Struný popis zakázky nebo nákupu()
   Veejná zakázka spoívá v zajitní komplexních úklidových slueb pro
   zadavatele.
   II.1.6)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   90910000
   II.1.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
   II.1.8)ásti zakázky
   Rozdlení zakázky na ásti: ne
   II.1.9)Informace o variantách
   Budou pijímány varianty: ne
   II.2)Mnoství nebo rozsah zakázky
   II.2.1)Celkové mnoství nebo rozsah:
   Uvete odhadovanou hodnotu bez DPH: 22 000 000 CZK
   II.2.2)Informace o opcích
   Opce: ne
   II.2.3)Informace o obnovení zakázek
   Tuto zakázku lze obnovit: ne
   II.3)Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení
   Doba trvání v msících: 48 (ode dne zadání zakázky)
   Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
   III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
   III.1.1)Poadované zálohy a záruky:
   III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
   na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
   III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatel, jim bude
   zakázka zadána:
   III.1.4)Dalí zvlátní podmínky
   III.2)Podmínky úasti
   III.2.1)Profesní kvalifikaní pedpoklady dodavatel, vetn poadavk
   týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstících
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáe dodavatel
   pedloením:
    výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpisu z
   jiné obdobné evidence (nap. ivnostenský rejstík), pokud je v ní
   zapsán,
    dokladu o oprávnní k podnikání podle zvlátních právních pedpis v
   rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména dokladu
   prokazujícího písluné ivnostenské oprávnní i licenci (tj. doklad o
   oprávnní k podnikání, který musí pokrýt celý rozsah pedmtu veejné
   zakázky),
    osvdení krajské hygienické stanice o odborné zpsobilosti
   dodavatele k výkonu dezinfekce v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o
   ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon.
   III.2.2)Ekonomická a finanní zpsobilost
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Dodavatel pedloí dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona estné prohláení o
   své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku.
   III.2.3)Technická zpsobilost
   Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
   Splnní technických kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné
   zakázky na sluby prokáe dodavatel v souladu s § 56 odst. 2 zákona
   pedloením:
    seznamu významných slueb provedených dodavatelem v posledních 3
   letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (§ 56 odst. 2 písm.
   a) zákona). Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
   Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
   III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
   III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na sluby
   III.3.1)Informace o vyhrazení urité profesi
   Poskytování dané sluby je vyhrazeno urité profesi: ne
   III.3.2)Zamstnanci odpovdní za provedení sluby
   Právnické osoby by mly uvést jména a profesní kvalifikace zamstnanc
   odpovdných za provedení dané sluby: ne
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.1.2)Omezení potu zájemc, kteí budou vyzváni k podání nabídek nebo
   k úasti
   IV.1.3)Sníení potu zájemc bhem vyjednávání nebo dialogu
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska kritérií uvedených níe
   1. Výe nabídkové ceny. Váha 70
   2. Kvalita uchazeem zpracované smrnice o provádní úklidu. Váha 30
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Bude pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem:
   0142/01/3761
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   Oznámení pedbných informací
   íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 235-426485 ze dne 4.12.2015
   IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalích dokument
   nebo dokumentace soutního dialogu
   IV.3.4)Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast
   22.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k úasti vybraným
   zájemcm
   IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo ádosti o
   úast vypracovány
   etina.
   IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán
   do: 31.5.2016
   IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
   Datum: 22.2.2016 - 10:00
   Místo:
   Sídlo zadavatele.
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o opakování zakázek
   Jde o opakovanou zakázku: ne
   VI.2)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.3)Dalí informace
   VI.4)Odvolací ízení
   VI.4.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [10]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: [11]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167112
   VI.4.2)Podání odvolání
   Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
   návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
   15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
   napadá. Zadavatel je povinen vyídit námitky do 10 dn. Návrh je nutné
   doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
   námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
   námitkách nerozhodl.
   VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [12]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167111
   Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167112
   VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Baumschnitt - NL-Beek en Donk
Baumschnitt
Dokument Nr...: 6773-2016 (ID: 2016010909081144233)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  NL-Beek en Donk: Baumschnitt
   2016/S 6/2016 6773
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
   221959283
   Postbus 190
   Kontaktstelle(n): Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
   Hoofdkantoor
   Zu Händen von: Jeroen Gijsbers
   5740 AD Beek en Donk
   NIEDERLANDE
   Telefon: +31 615137850
   E-Mail: [4]J.Gijsbers@bizob.nl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.bizob.nl
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77341000
   Beschreibung
   Baumschnitt.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2017 - 09:58
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Niederländisch.
References
   4. mailto:J.Gijsbers@bizob.nl?subject=TED
   5. http://www.bizob.nl/
   6. https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
OT: 09/01/2016    S6    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht -
   Openbare procedure
   Nederland-Beek en Donk: Snoeien van bomen
   2016/S 006-006773
   Aankondiging van een opdracht
   Diensten
   Richtlijn 2004/18/EG
   Afdeling I: Aanbestedende dienst
   I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
   Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
   221959283
   Postbus 190
   Contactpunt(en): Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
   Hoofdkantoor
   Ter attentie van: Jeroen Gijsbers
   5740 AD Beek en Donk
   NEDERLAND
   Telefoon: +31 615137850
   E-mail: [6]J.Gijsbers@bizob.nl
   Internetadres(sen):
   Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.bizob.nl
   Adres van het kopersprofiel:
   [8]https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
   adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
   concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
   verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
   contactpunt(en)
   Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
   Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
   I.2)Soort aanbestedende dienst
   Regionale of plaatselijke instantie
   I.3)Hoofdactiviteit
   Algemene overheidsdiensten
   I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
   De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
   neen
   Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
   II.1)Beschrijving
   II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   Snoeien van bomen gemeente Laarbeek.
   II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
   van de goederen of verlening van de diensten
   Diensten
   Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
   Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
   goederen of verlening van de diensten: Laarbeek.
   NUTS-code
   II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
   het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
   De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
   II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
   Raamovereenkomst met één onderneming
   Looptijd van de raamovereenkomst
   Jaar/jaren: 3
   Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de
   raamovereenkomst
   Geraamde waarde zonder btw: 0 EUR
   II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
   Het dient te worden uitgevoerd in de gemeente Laarbeek en bestaat in
   hoofdzaak uit:
   a snoeien van bomen;
   b afvoeren snoeihout;
   c registreren uitgevoerd werk;
   d opstellen van deelopdrachten;
   e incidenteel rooien van bomen;
   f bijkomende verplichtingen, zoals toepassen verkeersmaatregelen, etc.
   II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
   overheidsopdrachten)
   77341000
   II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
   (GPA)
   Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   ja
   II.1.8)Percelen
   Verdeling in percelen: neen
   II.1.9)Inlichtingen over varianten
   Varianten worden geaccepteerd: neen
   II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
   II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
   Geraamde waarde zonder btw: 0 EUR
   II.2.2)Inlichtingen over opties
   Opties: neen
   II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
   Deze opdracht kan worden verlengd: ja
   Aantal mogelijke verlengingen: 1
   In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten,
   geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
   In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
   II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
   Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
   inlichtingen
   III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
   III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
   III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
   verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
   III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
   waaraan de opdracht wordt gegund:
   III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
   III.2)Voorwaarden voor deelneming
   III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
   in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan: Eis: 2.1 t/m 2.4  geen crimineel verleden.
   Beschrijving:
   De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die
   kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
   a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2,
   eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad,
   (PbEG 1998, L 351);
   b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van
   26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van
   Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
   c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
   bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C
   316);
   d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr.
   91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van
   het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166)
   zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement
   en de Raad (PbEG L 2001, 344).
   Als veroordelingen als bedoeld onder a, b,c, of d worden in ieder geval
   aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178,
   225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter
   of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
   Wetsverwijzing: geen crimineel verleden.
   Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
   Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
   instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
   voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
   artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
   indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
   is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
   toepassing is.
   Eis: 3.1  geen faillissement of surseance van betaling.
   Beschrijving: de inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van
   faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt,
   jegens hem geldt geen surseance van betaling of een
   (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert niet
   in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke
   procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of
   regelgeving.
   Wetsverwijzing: geen faillissement of surseance van betaling.
   Bewijsstuk: handelsregister.
   Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
   instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
   voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het
   tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de
   inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze
   uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
   Eis: 3.2  geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel.
   Beschrijving: tegen de gegadigde of inschrijver is geen onherroepelijk
   geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van
   toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor
   hem relevante beroepsgedragsregel.
   Wetsverwijzing: geen gerechtelijke uitspraak.
   Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
   Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
   instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
   voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
   artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
   indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
   is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
   toepassing is.
   Eis: 3.3  geen ernstige beroepsfout.
   Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van
   zijn beroep geen ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst
   aannemelijk kan worden gemaakt.
   Wetsverwijzing: geen ernstige beroepsfout.
   Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
   Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
   instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
   voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
   artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
   indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
   is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
   toepassing is.
   Eis: 3.4  betalingen belastingen en premies.
   Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft voldaan aan
   verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke
   bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of
   belastingen.
   Wetsverwijzing: betalingen belastingen en premies.
   Bewijsstuk: verklaring belastinginspecteur.
   Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
   instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
   voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het
   tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de
   inschrijving, niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze
   uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.
   Eis: 3.5  geen valse verklaringen.
   Beschrijving: de gegadigde of inschrijver heeft zich niet in ernstige
   mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
   inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd
   of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.
   Wetsverwijzing: geen valse verklaringen.
   Bewijsstuk: eigen verklaring.
   Toelichting op bewijsstuk: de gegadigde of inschrijver verklaart door
   middel van het invullen en indienen van de Eigen verklaring voor
   aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten dat hij zich niet in
   ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij
   geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt.
   III.2.2)Economische en financiële draagkracht
   III.2.3)Vakbekwaamheid
   Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
   voldaan:
   Referentie-eis:
   Ondernemer dient in de periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de
   uiterste datum van aanmelding op een vakkundige en regelmatige wijze
   projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen
   termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de
   volgende kerncompetenties benodigd waren:
   Aan te tonen kerncompetenties:
   1. Vakkundig snoeien van bomen (1 referentie).
   Met de referentie dient opdrachtnemer aan te tonen dat:
    bomen vakkundig zijn gesnoeid;
    naar tevredenheid van opdrachtgever zijn gesnoeid;
    er geen schade is toegebracht aan bomen of omgeving;
    verkeersmaatregelen volgens eisen contract zijn toegepast;
    een opdracht van ten minste 2 000 bomen in openbaar terrein met goed
   gevolg heeft uitgevoerd.
   2. Vakkundig rooien van bomen (1 referentie).
   Met de referentie dient opdrachtnemer aan te tonen dat:
    bomen vakkundig zijn gerooid;
    naar tevredenheid van opdrachtgever zijn gerooid;
    er geen schade is toegebracht aan de omgeving;
    verkeersmaatregelen volgens eisen contract zijn toegepast;
    een opdracht van ten minste 10 bomen in de openbare ruimte met goed
   gevolg heeft uitgevoerd.
   Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
   invullen en indienen van de eigen verklaring voor
   aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   aantonen aan deze eis te voldoen door middel van een volledig ingevulde
   en ondertekende referentieverklaring, inclusief tevredenheidsverklaring
   van opdrachtgever(s). De referentieverklaring is als bijlage bij het
   aanbestedingsdocument gevoegd.
   Kwaliteitssysteem:
   Om in aanmerking te komen voor inschrijving heeft gegadigde of
   inschrijver een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitssysteem dat
   voldoet aan de eisen en voorwaarden die verbonden zijn aan het
   certificaat BRL boomverzorging van Stichting Groenkeur, en dat
   periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
   Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
   invullen en indienen van de eigen verklaring voor
   aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een kopie van het betreffende certificaat, aantonen aan
   deze eis te voldoen.
   Veiligheid:
   De inschrijver of gegadigde heeft een vastgelegd en gecertificeerd
   VGM-systeem zoals bijvoorbeeld VCA**, dat naast de veiligheid,
   gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook toeziet op die van de
   onderaannemers, en dat periodiek door een geaccrediteerde instelling
   wordt getoetst.
   Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
   invullen en indienen van de eigen verklaring voor
   aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
   Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
   door middel van een kopie van het betreffende certificaat, aantonen aan
   deze eis te voldoen.
   Eventuele minimumeisen:
   Referentie-eis:
   Het doel van de referenties is aan te tonen dat betreffende
   opdrachtgever tevreden is over de geleverde kwaliteit door en de
   samenwerking met de inschrijver. Hiertoe dient een
   tevredenheidsverklaring van de in de referentieverklaring genoemde
   contactpersoon aan de referentieverklaring te worden toegevoegd. Indien
   één (1) opdrachtgever kan worden aangeduid als referentie voor beide
   kerncompetenties, kan daarmee worden volstaan. Anders dienen twee (2)
   opdrachtgevers te worden opgegeven.
   Kwaliteitssysteem:
   Een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan de
   eisen en voorwaarden die verbonden zijn aan het certificaat BRL
   boomverzorging van Stichting Groenkeur, en dat periodiek door een
   geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
   Veiligheid:
   Een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem zoals bijvoorbeeld VCA**,
   dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook
   toeziet op die van de onderaannemers, en dat periodiek door een
   geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
   III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
   III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
   III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
   III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
   personeel
   Afdeling IV: Procedure
   IV.1)Type procedure
   IV.1.1)Type procedure
   Openbaar
   IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
   schrijven of deel te nemen
   IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
   of de dialoog
   IV.2)Gunningscriteria
   IV.2.1)Gunningscriteria
   Laagste prijs
   IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
   Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
   IV.3)Administratieve inlichtingen
   IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
   Bizob-2015-JG-LB-018
   IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
   neen
   IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
   stukken of het beschrijvende document
   Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
   IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
   deelnemingsaanvragen
   22.2.2017 - 09:58
   IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
   deelneming aan geselecteerde gegadigden
   IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
   verzoeken tot deelneming
   Nederlands.
   IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
   gestand moet doen
   Periode in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de
   inschrijvingen)
   IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
   Plaats:
   Gemeentehuis Laarbeek.
   Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
   Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
   VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
   Periodieke opdracht: neen
   VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
   De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
   middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
   VI.3)Nadere inlichtingen
   Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te
   bereiken is via [9]www.negometrix.com Na kosteloze registratie op
   Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze
   aanbesteding.
   VI.4)Beroepsprocedures
   VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
   VI.4.2)Instellen van beroep
   VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
   verkregen
   VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
   6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörig e Erzeugnisse - UK-Kenilworth
Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse
Getreide und Kartoffeln/Erdäpfel
Getreide
Dokument Nr...: 6873-2016 (ID: 2016010909093444346)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  UK-Kenilworth: Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörig
e Erzeugnisse
   2016/S 6/2016 6873
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Agriculture and Horticulture Development Board
   Stoneleigh Park
   Zu Händen von: Julia Burger
   CV8 2TL Kenilworth
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 2476692051
   E-Mail: [4]julia.burger@ahdb.org.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ahdb.org.uk/
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   03000000, 03100000, 03210000, 03211000
   Beschreibung
   Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung
   sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse.
   Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse.
   Getreide und Kartoffeln/Erdäpfel.
   Getreide.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   19.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:julia.burger@ahdb.org.uk?subject=TED
   5. http://www.ahdb.org.uk/
OT: 09/01/2016    S6    - - Services - Contract notice - Open procedure
   United Kingdom-Kenilworth: Agricultural, farming, fishing, forestry and
   related products
   2016/S 006-006873
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Agriculture and Horticulture Development Board
   Stoneleigh Park
   For the attention of: Julia Burger
   CV8 2TL Kenilworth
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 2476692051
   E-mail: [6]julia.burger@ahdb.org.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority:
   [7]http://www.ahdb.org.uk/
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Health
   Other: agriculture and horticulture
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   For the Conduct of Crop Variety Trials for AHDB's Recommended List
   Project.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Various locations across the UK, results delivered to AHDB,
   Warwickshire.
   NUTS code UK,UKG13
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   The Agriculture and Horticulture Development Board, operating through
   its Cereals and Oilseeds division is offering for tender a number of
   cereal and oilseed rape variety trials, disease and quality tests to
   enable the development of the AHDB Recommended Lists. The Recommended
   List system identifies and recommends appropriate cereal and
   oilseed-rape varieties for different market sectors of the industry and
   ensures that these recommendations are publicised. It operates
   impartially and seeks the involvement of all significant sectors of the
   industry in making its recommendations in the interests of the industry
   as a whole.
   The trials and tests in this tender are for some of those providing
   data that underpins the AHDB Recommended Lists.
   Tenders are invited from single operators or consortia for work to be
   undertaken over a period of 5 years covering the harvesting seasons
   2017-2021 depending on the trials.
   Details of the trials including specifications (such as rotation,
   sowing time, soil type and management) contract start dates and lengths
   are provided as part of the tender documents.
   Tenders are invited for any or all of the trials/tests described
   therein.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   03000000, 03100000, 03210000, 03211000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.1.8)Lots
   This contract is divided into lots: no
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   The Agriculture and Horticulture Development Board, operating through
   its Cereals and Oilseeds division is offering for tender a number of
   cereal and oilseed rape variety trials, disease and quality tests to
   enable the development of the AHDB Recommended Lists. The Recommended
   List system identifies and recommends appropriate cereal and
   oilseed-rape varieties for different market sectors of the industry and
   ensures that these recommendations are publicised. It operates
   impartially and seeks the involvement of all significant sectors of the
   industry in making its recommendations in the interests of the industry
   as a whole.
   The trials and tests in this tender are for some of those providing
   data that underpins the AHDB Recommended Lists.
   Tenders are invited from single operators or consortia for work to be
   undertaken over a period of 5 years covering the harvesting seasons
   2017-2021 depending on the trials.
   Details of the trials including specifications (such as rotation,
   sowing time, soil type and management) contract start dates and lengths
   are provided as part of the tender documents.
   Tenders are invited for any or all of the trials/tests described
   therein.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 1 600 000 and 1 810 000 GBP
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: yes
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Starting 1.7.2016. Completion 31.8.2021
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   See Tender documents.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   See Tender documents.
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: Suppliers Instructions How to Express Interest in
   this Tender: 1. Register your company on the eSourcing portal (this is
   only required once) - Browse to the eSourcing Portal:
   [8]https://defra.bravosolution.co.uk and click the link to register -
   Accept the terms and conditions and click continue - Enter your
   correct business and user details - Note the username you chose and
   click Save when complete - You will shortly receive an email with
   your unique password (please keep this secure) 2. Express an Interest
   in the tender - Login to the portal with the username/password - Click
   the PQQs / ITTs Open to All Suppliers link. (These are
   Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any
   registered supplier) - Click on the relevant PQQ/ ITT to access the
   content. - Click the Express Interest button at the top of the page.
   - This will move the PQQ /ITT into your My PQQs/ My ITTs page. (This
   is a secure area reserved for your projects only) -You can now access
   any attachments by clicking Buyer Attachments in the PQQ/ ITT
   Details box 3. Responding to the tender - Click My Response under
   PQQ/ ITT Details, you can choose to Create Response or to Decline
   to Respond (please give a reason if declining) - You can now use the
   Messages function to communicate with the buyer and seek any
   clarification - Note the deadline for completion, then follow the
   onscreen instructions to complete the PQQ/ ITT - There may be a mixture
   of online and offline actions for you to perform (there is detailed
   online help available) You must then submit your reply using the
   Submit Response button at the top of the page. If you require any
   further assistance please consult the online help, or contact the
   eTendering help desk.
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   2015-066
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   19.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Date: 19.2.2016 - 12:00
   Place: Agriculture & Horticulture Development Board
   For the attention of: Julia Burger
   Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
   Additional information about authorised persons and opening procedure:
   Procurement Officers.
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: yes
   Estimated timing for further notices to be published: January 2021.
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   The Contracting Authority intends to use an e-Tendering system in this
   procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   Precise information on deadline(s) for lodging appeals: AHDB will
   incorporate a standstill period at the point of information on the
   award contract is communicated to tenderers. The notification will
   provide full information on the award decision. The standstill period,
   which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for
   unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the
   contract is entered into. The public contracts regulations 2015
   (Sl12015) provide the aggrieved parties who have been harmed or at risk
   by a breach of the rules take no action in the high court (England,
   Wales and Northern Ireland).
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Abholung von Siedlungsabfällen - FR-Drevant
Abholung von Siedlungsabfällen
Einsammeln von Hausmüll
Dokument Nr...: 6973-2016 (ID: 2016010909103144450)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  FR-Drevant: Abholung von Siedlungsabfällen
   2016/S 6/2016 6973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Smirtom du Saint-Amandois
   ZA Gérard Morel
   18200 Drevant
   FRANKREICH
   Telefon: +33 248606689
   E-Mail: [4]smirtom.stamandois@wanadoo.fr
   Fax: +33 248965943
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]https://www.smirtom-stamandois.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.achat-national.com
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90511000, 90511200
   Beschreibung
   Abholung von Siedlungsabfällen.
   Einsammeln von Hausmüll.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 2015 /06
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Brangeon Environnement
   7 route de Montjean
   49620 La Pommeraye
   FRANKREICH
   E-Mail: [7]contact@brangeon.fr
   Telefon: +33 241721155
   Fax: +33 241778746
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 280 100 EUR
   ohne MwSt
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Jahre: 8
References
   4. mailto:smirtom.stamandois@wanadoo.fr?subject=TED
   5. https://www.smirtom-stamandois.fr/
   6. https://www.achat-national.com/
   7. mailto:contact@brangeon.fr?subject=TED
OT: 09/01/2016    S6    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Drevant: Services de collecte des ordures
   2016/S 006-006973
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Smirtom du Saint-Amandois
   ZA Gérard Morel
   18200 Drevant
   FRANCE
   Téléphone: +33 248606689
   E-mail: [6]smirtom.stamandois@wanadoo.fr
   Fax: +33 248965943
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]https://www.smirtom-stamandois.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]https://www.achat-national.com
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre
   I.3)Activité principale
   Environnement
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Collecte traditionnelle ou robotisée des déchets ménagers et assimilés.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 16: Services de voirie et d'enlèvement des
   ordures: services d'assainissement et services analogues
   Code NUTS FR241
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Collecte traditionnelle ou robotisée des déchets ménagers et assimilés.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   90511000, 90511200
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Prix. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   2015/06
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 182-330361 du 19.9.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 2015 /06 Intitulé: Collecte traditionnelle ou robotisée des
   déchets ménagers et assimilés
   V.1)Date d'attribution du marché:
   31.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 4
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Brangeon Environnement
   7 route de Montjean
   49620 La Pommeraye
   FRANCE
   E-mail: [10]contact@brangeon.fr
   Téléphone: +33 241721155
   Fax: +33 241778746
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 2 280 100 EUR
   Hors TVA
   En cas de montant annuel ou mensuel:
   le nombre dannées: 8
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Le montant de 2 280 100 EUR HT est annuel. La durée du marché est de 8
   ans.
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
   Annonce n° 15-141509, mise en ligne le 16.9.2015.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   28 rue de la Bretonnerie
   45057 Orléans
   E-mail: [11]greffe.ta-orleans@juradm.fr
   Téléphone: +33 238775900
   Fax: +33 238538516
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif
   28 rue de la Bretonnerie
   45057 Orléans
   E-mail: [12]greffe.ta-orleans@juradm.fr
   Téléphone: +33 238775900
   Fax: +33 238538516
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reinigungsdienste - PL-Oleszno
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 7073-2016 (ID: 2016010909113544549)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  PL-Oleszno: Reinigungsdienste
   2016/S 6/2016 7073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
   ul. Gówna 1
   Zu Händen von: Katarzyna Trbas
   78-513 Oleszno
   POLEN
   Telefon: +48 261474572
   E-Mail: [4]16wog.zam.pub@wp.mil.pl
   Fax: +48 261474571
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://16wog.wp.mil.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   90910000
   Beschreibung
   Reinigungsdienste.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: I Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd
   ul. B. Chrobrego 14
   68-100 aga
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 61 121,20 PLN
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 2
   Auftrags-Nr: II Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Impel Cleaning Sp. z o.o.
   ul. lna 11B
   53-111 Wrocaw
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 83 290,36 PLN
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 2
References
   4. mailto:16wog.zam.pub@wp.mil.pl?subject=TED
   5. http://16wog.wp.mil.pl/
OT: 09/01/2016    S6    - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Polska-Oleszno: Usugi sprztania
   2016/S 006-007073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Usugi
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
   ul. Gówna 1
   Osoba do kontaktów: Katarzyna Trbas
   78-513 Oleszno
   POLSKA
   Tel.: +48 261474572
   E-mail: [6]16wog.zam.pub@wp.mil.pl
   Faks: +48 261474571
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://16wog.wp.mil.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: MON  Jednostka Wojskowa
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Obrona
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Usuga polegajca na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
   jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych pooonych w rejonie
   odpowiedzialnoci 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
   Pomorskie  cz I GZ Mirosawiec i cz II Wacz.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Usugi
   Kod NUTS
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Usuga polegajca na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
   jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych pooonych w rejonie
   odpowiedzialnoci 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
   Pomorskie  cz I GZ Mirosawiec.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   90910000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
   Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
   o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
   Dyrektywa 2004/18/WE
   1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
   publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
   dyrektywy 2004/18/WE
   Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
   tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
   technicznych
   Ze wzgldu na wystpienie pilnej koniecznoci spowodowanej
   wydarzeniami, których instytucja zamawiajca nie moga przewidzie oraz
   zgodnie z warunkami cile okrelonymi w dyrektywie.
   Decyzja nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2011 r.
   dotyczca wprowadzenia do uytku subowego ,,Wytycznych w sprawie
   podziau waciwoci organów infrastruktury i uytkowników w zakresie
   finansowania i realizacji zada zwizanych z utrzymaniem czystoci
   obiektów, utrzymania terenów zieleni zlokalizowanych na terenie
   kompleksów wojskowych oraz chodników zewntrznych, pooonych
   bezporednio przy granicy tych kompleksów. W celu zapewnienia
   cigoci i usprawnienia realizacji wykonywanej usugi sprztania
   pomieszcze wewntrznych budynków w Jednostkach, Instytucjach i
   obiektach wojskowych zlokalizowanych na terenie dziaania 16 Wojskowego
   Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie oraz majc na uwadze
   specyfikacj obsugiwanych Jednostek zachodzi konieczno przystpienia
   do zamówienia z wolnej rki. W dniu 22.10.2015 ukazao si ogoszenie
   dotyczce zamówienia na usug sprztania pomieszcze wewntrznych
   budynków. Otwarcie ofert na w/w usug odbyo si 4.12.2015 r. W dniu
   8.12.2015 r. Zamawiajcy zwróci si do Wykonawców z wezwaniem do
   przedstawienia wyjanie, majcych wpyw na wysoko ceny, odpowiedzi
   Wykonawcy mieli udzieli do 11.12.2015 r. Zamawiajcy powzi decyzje o
   wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 15.12.2015, o której
   powiadomiono kadego z potencjalnych Wykonawców odrbnym pismem. W dniu
   28.12.2015 r. do 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie
   wpyno odwoanie od Firmy Impel Cleaning Sp. z o.o. na cz I
   Mirosawiec i cz II Wacz znak postpowania 977/2015, w zwizku z
   wyborem przez Zamawiajcego Firmy  Biuro Handlowo  Usugowe VIGOR Sp.
   z o.o., której to Odwoujcy zarzuca brak konkretnych wyjanie
   dotyczcych podejrzenia raco niskiej ceny. W zwizku z powyszym
   zachodzi konieczno przystpienia do postpowania z wolnej rki na dwa
   miesice tj. stycze i luty 2016 r. w celu wykonywania nieprzerwalnie
   usugi polegajcej na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
   Jednostkach, Instytucjach i obiektach wojskowych zlokalizowanych na
   terenie dziaania 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
   Pomorskie GZ Mirosawiec i GZ Wacz.
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Najnisza cena
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   1313/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o dobrowolnej przejrzystoci ex ante
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 253-463655 z dnia 31.12.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: I Cz nr: 1 - Nazwa: Usuga polegajca na sprztaniu
   pomieszcze wewntrznych budynków w jednostkach, instytucjach i
   obiektach wojskowych pooonych w rejonie odpowiedzialnoci 16
   Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie  cz I GZ
   Mirosawiec
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   4.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd
   ul. B. Chrobrego 14
   68-100 aga
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 61 121,20 PLN
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Zamówienie nr: II Cz nr: 2 - Nazwa: Usuga polegajca na sprztaniu
   pomieszcze wewntrznych budynków w jednostkach, instytucjach i
   obiektach wojskowych pooonych w rejonie odpowiedzialnoci 16
   Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie  cz II GZ Wacz
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   4.1.2016
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Impel Cleaning Sp. z o.o.
   ul. lna 11B
   53-111 Wrocaw
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 83 290,36 PLN
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 2
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung - FR-Saint-Étienne
Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
Dokument Nr...: 7173-2016 (ID: 2016010909123444659)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  FR-Saint-Étienne: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
   2016/S 6/2016 7173
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Saint-Étienne
   21420218600018
   Hôtel de Ville, BP 503
   Zu Händen von: Le maire
   42007 Saint-Étienne
   FRANKREICH
   Telefon: +33 477487807
   E-Mail: [4]marchespublics@saint-etienne.fr
   Fax: +33 477487811
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
   [5]http://www.saint-etienne.fr/
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.saint-etienne.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60210000
   Beschreibung
   Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   sncf dea cera
   40 B, rue de la Villette
   69003 Lyon
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:marchespublics@saint-etienne.fr?subject=TED
   5. http://www.saint-etienne.fr/
   6. http://www.saint-etienne.fr/
OT: 09/01/2016    S6    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Négociée sans mise en concurrence
   France-Saint-Étienne: Services de transport ferroviaire public
   2016/S 006-007173
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Saint-Étienne
   21420218600018
   Hôtel de Ville, BP 503
   À l'attention de: Le maire
   42007 Saint-Étienne
   FRANCE
   Téléphone: +33 477487807
   E-mail: [6]marchespublics@saint-etienne.fr
   Fax: +33 477487811
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
   [7]http://www.saint-etienne.fr/
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.saint-etienne.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 18: Services de transports ferroviaires
   Code NUTS FR715
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Acquisition de titres de transport train pour les déplacements
   professionnels des agents municipaux, des élus et des invités de la
   Ville de Saint-Etienne, par le biais du portail entreprise SNCF et du
   compte logé American Express.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   60210000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Négociée sans publication préalable dun avis de marché
   Justification de lattribution du marché sans publication préalable
   dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
   Directive 2004/18/CE
   1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
   préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
   directive 2004/18/CE
   Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un
   soumissionnaire déterminé pour des raisons:
   liées à la protection de droits dexclusivité
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   Section V: Attribution du marché
   Intitulé: Marché no: 2015-443
   V.1)Date d'attribution du marché:
   15.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 1
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   sncf dea cera
   40 B, rue de la Villette
   69003 Lyon
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Retrouvez cet avis intégral sur [9]http://www.saint-etienne.fr
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7 janvier 2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Lyon
   184 rue Duguesclin Cedex 03
   69433 Lyon
   E-mail: [10]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Téléphone: +33 478141010
   Adresse internet: [11]http://lyon.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 478141065
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Lyon
   184 rue Duguesclin Cedex 03
   69433 Lyon
   E-mail: [12]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Téléphone: +33 478141010
   Fax: +33 478141065
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten - PL-Konstancin-Jeziorna
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Dokument Nr...: 7273-2016 (ID: 2016010909131444756)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  PL-Konstancin-Jeziorna: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze
und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
   2016/S 6/2016 7273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
   ul. Warszawska 165
   Zu Händen von: Tomasz Bujalski, Lidia Bedyska
   05-520 Konstancin-Jeziorna
   POLEN
   Telefon: +48 222421589 / 222422035
   E-Mail: tomasz.bujalski@pse.pl, lidia.bedynska@pse.pl
   Fax: +48 222422169
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45230000
   Beschreibung
   Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
   Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 62 656 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
References
OT: 09/01/2016    S6    - - Roboty budowlane - Ogoszenie o udzieleniu
   zamówienia - Procedura otwarta
   Polska-Konstancin-Jeziorna: Roboty budowlane w zakresie budowy
   rurocigów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
   dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
   2016/S 006-007273
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia  zamówienia sektorowe
   Dyrektywa 2004/17/WE
   Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
   ul. Warszawska 165
   Osoba do kontaktów: Tomasz Bujalski, Lidia Bedyska
   05-520 Konstancin-Jeziorna
   POLSKA
   Tel.: +48 222421589 / 222422035
   E-mail: tomasz.bujalski@pse.pl, lidia.bedynska@pse.pl
   Faks: +48 222422169
   I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Sektor elektroenergetyczny
   I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
   Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Rozbudowa stacji 220/110 kV Pia Krzewina o rozdzielni 400 kV  Etap
   I.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Roboty budowlane
   Zaprojektowanie i wykonanie
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Polska.
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
   Przedmiot zamówienia Wykonawca powinien zrealizowa metoda
   kompleksow co najmniej
   w nastpujcym zakresie:
   1. Opracowanie wszelkich niezbdnych dokumentów i projektów, uzyskanie
   w imieniu Zamawiajcego wszelkich decyzji i pozwole wymaganych do
   uzyskania pozwolenia na budow dla docelowego ukadu rozdzielni 400 kV
   oraz wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.
   2. Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod budow rozdzielni 400
   kV, w tym zakup
   w swoim imieniu a nastpnie zbycie na rzecz Zamawiajcego gruntu pod
   budow rozdzielni i uzyskanie suebnoci przesyu bez ogranicze
   czasowych dla wprowadze liniowych.
   3. Przeprowadzenie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze dla
   wybudowania rozdzielni i wprowadze liniowych.
   4. Realizacja programu komunikacji spoecznej wedug wytycznych
   Zamawiajcego.
   5. Wykonanie projektu budowlanego dla docelowego ukadu rozdzielni 400
   kV (tj. etapów I, II, III, IV i V) i projektu wykonawczego dla
   przedmiotu zamówienia (tj. etapu I) oraz uzyskanie pozytywnej opinii
   Zamawiajcego. Projekty naley zrealizowa wedug przepisów ustawy
   Prawo Budowlane i przepisów zwizanych, aktualnych w okresie realizacji
   przedmiotu zamówienia.
   6. Przeprowadzenie uzgodnie formalno-prawnych, wykonanie wymaganych
   dokumentów
   i opracowa w zakresie niezbdnym do wykonania i uytkowania
   inwestycji, uzyskanie prawomocnych i ostatecznych decyzji, w tym
   opracowa oraz decyzji rodowiskowych i decyzji o pozwoleniu na budow,
   opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-
   prawnego na odprowadzanie cieków deszczowych, obejmujcego
   nowobudowan rozdzielni oraz istniejcy teren stacji.
   7. Wykonanie nastpujcych prac:
   a) wybudowanie rozdzielni 400 kV zgodnie z opisem zawartym w Czci II
   SIWZ, wraz z dostaw wszystkich niezbdnych urzdze i materiaów,
   b) wykonanie wprowadze istniejcej linii 220 kV z kierunku SE Plewiska
   i tymczasowego poczenia istniejcej rozdzielni 220 kV z nowobudowan
   rozdzielni
   400 kV,
   c) przebudowanie na terenie nowobudowanej rozdzielni 400 kV istniejcej
   linii napowietrznej
   110 kV Chodzie na lini kablowa 110 kV i linii napowietrznej 15 kV
   zasilajcej potrzeby wasne na lini kablow,
   d) budow potrzeb wasnych zasilanych rezerwowo z linii 15 kV,
   e) wybudowanie budynku technologicznego i budynków potrzeb wasnych,
   f) wykonanie niezbdnej Infrastruktury,
   g) wykonanie niezbdnych prac w orodkach sterowania (KDM i ODM) i
   nadzoru (CN i RCN),
   h) przeprowadzenie sprawdze pomontaowych i testów funkcjonalnych,
   odbiorów
   i uruchomie.
   8. Wykonawca rozbudowy SE Pia Krzewina o rozdzielni 400 kV
   zobowizany jest do udziau
   w uruchomieniach linii 400 kV Bydgoszcz Zachód  Pia Krzewina w
   terminach podanych
   w umowie dla realizacji budowy linii 2x400 kV Bydgoszcz Zachód  Pia
   Krzewina.
   9. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji w zakresie realizacji
   zadania przedmiotu zamówienia.
   10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej rozdzielni i obiektów
   zwizanych.
   11. Zgoszenie i zawiadomienie odpowiednich organów o zakoczeniu
   inwestycji i uzyskanie
   w imieniu Zamawiajcego wszelkich decyzji umoliwiajcych rozpoczcie i
   prowadzenie eksploatacji rozdzielni 400 kV w tym uzyskanie zgody na
   uytkowanie.
   12. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z 2 lipca 2010 (
   DZ.U.2010 nr 130
   poz. 879) opracowanie dokumentacji zgoszeniowej w sprawie rodzajów
   instalacji, których eksploatacja wymaga zgoszenia, z uwzgldnieniem
   wymaga dotyczcych zgoszenia instalacji wytwarzajcych pole
   elektromagnetyczne oraz wykonanie stosownego zgoszenia.
   13. Wykonawca jest zobowizany do wprowadzenia zasad racjonalnej
   gospodarki odpadami zgodnie z gównym aktem prawnym regulujcym problem
   gospodarki odpadami  Ustaw z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8
   stycznia 2013 r. nr 0 poz. 21) w zwizku z koniecznoci
   unieszkodliwienia materiaów i odpadów powstaych w trakcie
   prowadzonych prac.
   W rozumieniu ww. ustawy Wykonawca stanie si wytwórc odpadów.
   Rozbudowa rozdzielni 400 kV w SE 220/110 kV Pia Krzewina odbywa si
   bdzie w 5 etapach
   (etap I, II, III, IV i V) w sposób zsynchronizowany czasowo z budow
   nowych linii 400 kV oraz stacji 400 kV w rejonie pónocno-centralnej
   czci kraju przewidzianych w Planie Rozwoju na lata 20102025. Kady
   etap bdzie stanowi odrbne zadanie inwestycyjne. W ramach niniejszego
   przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400
   kV. Wykonawca jest zobowizany wykona projekt wykonawczy dla etapu I
   oraz projekt budowlany dla caoci budowy rozdzielni
   400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V).
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   45230000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 62 656 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
   BP/33/2015/TB
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [6]2015/S 077-136880 z dnia 21.4.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: tak
   Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
   Zadanie inwestycyjne stanowi element Projektu, który przewidziany jest
   do wspófinansowania ze rodków
   pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
   Infrastruktura i rodowisko 2014-2020.
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Krajowa Izba Odwoawcza
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587801
   Faks: +48 224587700
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z art.
   182 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Departament Urzdu Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17 a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   Tel.: +48 224587801
   Faks: +48 224587700
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauleistungen im Hochbau - DE-Darmstadt
Bauleistungen im Hochbau
Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
Labormöbel
Verpflegungseinrichtungen
Abbrucharbeiten
Rohbauarbeiten
Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten
Gerüstarbeiten
Estricharbeiten
Metallbauarbeiten
Wärmedämmarbeiten
Gipskartonarbeiten
Installateurarbeiten
Putzarbeiten
Bautischlerarbeiten
Einbau von Fenstern
Rollladenarbeiten
Boden- und Fliesenarbeiten
Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
Anstricharbeiten
Fassadenarbeiten
Sanierungsarbeiten
Installation von labortechnischen Anlagen
Dokument Nr...: 73-2016 (ID: 2016010209261037365)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  DE-Darmstadt: Bauleistungen im Hochbau
   2016/S 1/2016 73
   Vorinformation
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für
   den Eigenbetrieb Gebäude- und Umweltmanagement
   Jägertorstraße 207, Darmstadt/Kranichstein
   Kontaktstelle(n): Zentrale Auftragsvergabestelle
   Zu Händen von: Frau Petker
   64289 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61518812490
   E-Mail: [5]zavs@ladadi.de
   Fax: +49 61512484
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.ladadi.de
   Adresse des Beschafferprofils: [7]www.subreport-elvis.de
   Weitere Auskünfte erteilen: Zentrale Auftragsvergabestelle des
   Landkreises Darmstadt-Dieburg
   Jägertorstraße 207, Darmstadt/Kranichstein
   Kontaktstelle(n): Zentrale Auftragsvergabestelle
   Zu Händen von: Frau Petker
   64289 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 61518812490
   E-Mail: [8]zavs@ladadi.de
   Fax: +49 61512484
   Internet-Adresse: [9]http://www.ladadi.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Lokalbehörde
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
   II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Grundhafte Sanierung Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt.
   II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
   Hauptausführungsort: Albrecht-Dürer-Schule, Klein-Gerauer Weg 23-25,
   64331 Weiterstadt.
   DE716
   II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
   nein
   II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
   Hochbau-Leistungen:
   Das Gebäude der Albrecht-Dürer-Schule wird grundsaniert und erweitert.
   Die Planung sieht eine Erweiterung der Schule durch eine Aufstockung in
   Teilbereichen und eingeschossige Anbauten vor. Das in
   Stahlbetonskelettbauweise errichtete Bestandsgebäude wird entkernt und
   durch Stahlbetonkonstruktionen ertüchtigt und ergänzt. Das Gebäude ist
   nicht unterkellert. Alle Gebäudeteile haben Flachdächer mit
   Gefälledämmung (ca. 5 900 m²). Der komplette Innenausbau (Putzarbeiten
   ca. 5 000 m², Estricharbeiten 6 200 m², Trockenbauarbeiten Wände 3 000
   m² u. 5 000 m² Decken, Malerarbeiten Wände 5 000 m² u. Decken 6 800
   m²), außer den vorhandenen Treppenräumen, wird neu errichtet. In die
   WDVS-Fassade (ca. 3 600 m²) sind Fensterbänder bestehend aus
   Einzelenfenstern (ca. 800 Stk.) und Pfosten-Riegel-Fassadenelementen
   (ca. 45 Stk.) jeweils inkl. Sonnenschutz, integriert.
   TGA-Leistungen:
   1_Heizung: Aufbau einer neuen Zweirohrheizungsanlage beginnend mit dem
   Verteiler mit 8 Heizkreisen als Unterstation sowie ca. 1 800 m
   Schwarzrohr inklusive Dämmung.
   2_Lüftung: Aufbau einer neuen Raumluftechnischen Anlage mit 3
   Lüftungsgeräten (16 000, 14 000 und 7 500 m²/h) sowie ca. 40
   Brandschutzklappen und ca. 4 000 m² Kanal sowie ca. 200 m
   Wickelfalzrohr.
   3_Sanitär: Aufbau eines neuen Trinkwasserversorgungs- sowie
   Entsorgugnsnetz für Schmutzwasser und Regenwasser mit ca. 800 m
   PVC-Rohr, ca. 550 m SML-Rohr, ca. 1 500 m Edelstahlrohr inklusive
   Dämmungen und ca. 75 Sanitärobjekten.
   4_Elektro: Aufbau einer Niederspannungshauptverteilung mit 15
   abgehenden Unterverteilungen, Niederspannungsinstallationen in den
   Verlegearten A, B, C und D, Installationsgeräte zum Teil in KNX Bus
   Ausführung mit 1 100 Leuchten in LED Ausführung, Erneuerung des
   Blitzschutzes und Anpassungsarbeiten der Erdung, Einbau einer
   Brandmeldeanlage incl. Alarmierungseinheiten, Aufbau eines
   strukturierten Datennetzes mit Lichtwellen- und Kufperleitungen (CAT7)
   sowie 380 Datenports.
   Leistungen Einrichtung/Ausstattung Fachräume/Mensaküche:
   1_Einrichtung und Ausstattung von neun naturwissenschaftlichen
   Fachunterrichtsräumen, einem Selbstlernzentrum und drei
   Vorbereitungsräumen.
   2_Abluftanlage des naturwissenschaftlichen Bereichs (Schadstoffabluft).
   3_Einrichtung und Ausstattung der Mensaküche.
   Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich nur um eine Vorinformation.
   Unsere Vergabeunterlagen sind ausschließlich und nach einer einmaligen
   Registrierung über unsere Vergabeplattform [10]www.subreport-elvis.de
   erhältlich. Eine schriftliche Anforderung ist nicht notwendig.
   Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage
   [11]www.ladadi.de/ausschreibungen
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45210000, 31000000, 39180000, 39310000, 45111100, 45223220, 45261410,
   45262100, 45262320, 45262670, 45321000, 45324000, 45330000, 45410000,
   45421000, 45421132, 45421145, 45431000, 45432100, 45442100, 45443000,
   45453100, 51430000
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
   II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.8)Zusätzliche Angaben:
   Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: Hochbau: 01/2016;
   TGA 1/Heizung: 04/2016; TGA 2/Lüftung: 04/2016; TGA 3/Sanitär: 04/2016;
   TGA 4/Elektro: 04/2016;
   NW-Einrichtung 1: 08/2016; NW-Einrichtung 2: 08/2016; NW-Einrichtung 3:
   09/2016.
   Bei der Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation.
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   Hier gilt § 16 VOB/B in Verbindung mit § 19 Hessisches Vergabe- und
   Tariftreuegesetz.
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich nur um eine Vorinformation.
   Unsere Vergabeunterlagen sind ausschließlich und nach einer einmaligen
   Registrierung über unsere Vergabeplattform [12]www.subreport-elvis.de
   erhältlich. Eine schriftliche Anforderung ist nicht notwendig.
   Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage
   [13]www.ladadi.de/ausschreibungen
   Nachr. HAD-Ref.: 2078/2041.
   Nachr. V-Nr/AKZ: ADS Weiterstadt 2016.
   VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
   Einschlägige behördliche Internetseite(n), auf der Informationen
   abgerufen werden können
   Steuerrecht [14]http://www.hmdf.hessen.de
   Hessisches Ministerium der Finanzen
   Postfach: 3180
   65021 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 611320
   Fax: +49 611322471
   Internet-Adresse: [15]http://www.hmdf.hessen.de
   Umweltrecht [16]http://www.hmuelv.hessen.de/
   Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
   Verbraucherschutz
   Mainzer Str. 80
   65189 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6118150
   Fax: +49 6118151941
   Internet-Adresse: [17]http://www.hmuelv.hessen.de/
   Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen [18]http://www.hsm.hessen.de
   Hessisches Sozialministerium
   Dostojewskistr. 4
   65187 Wiesbaden
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 6118170
   Fax: +49 611809399
   Internet-Adresse: [19]http://www.hsm.hessen.de
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   28.12.2015
References
   5. mailto:zavs@ladadi.de?subject=TED
   6. http://www.ladadi.de/
   7. http://www.subreport-elvis.de/
   8. mailto:zavs@ladadi.de?subject=TED
   9. http://www.ladadi.de/
  10. http://www.subreport-elvis.de/
  11. http://www.ladadi.de/ausschreibungen
  12. http://www.subreport-elvis.de/
  13. http://www.ladadi.de/ausschreibungen
  14. http://www.hmdf.hessen.de/
  15. http://www.hmdf.hessen.de/
  16. http://www.hmuelv.hessen.de/
  17. http://www.hmuelv.hessen.de/
  18. http://www.hsm.hessen.de/
  19. http://www.hsm.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - IT-Catania
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 7373-2016 (ID: 2016010909135644858)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
  IT-Catania: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
   2016/S 6/2016 7373
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   S.A.C.  Società Aeroporto Catania SpA
   Aeroporto Fontanarossa Catania
   Kontaktstelle(n): Responsabile del Procedimento
   Zu Händen von: geom. Antonio Luciano Ardiri
   95121 Catania
   ITALIEN
   E-Mail: [4]l.ardiri@aeroporto.catania.it
   Fax: +39 0957239228
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.aeroporto.catania.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   77310000
   Beschreibung
   Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 739 326,15 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
References
   4. mailto:l.ardiri@aeroporto.catania.it?subject=TED
   5. http://www.aeroporto.catania.it/
OT: 09/01/2016    S6    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
   aperta
   Italia-Catania: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
   2016/S 006-007373
   Avviso di aggiudicazione di appalti  Settori speciali
   Direttiva 2004/17/CE
   Sezione I: Ente aggiudicatore
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   S.A.C.  Società Aeroporto Catania SpA
   Aeroporto Fontanarossa Catania
   Punti di contatto: Responsabile del Procedimento
   All'attenzione di: geom. Antonio Luciano Ardiri
   95121 Catania
   ITALIA
   Posta elettronica: [6]l.ardiri@aeroporto.catania.it
   Fax: +39 0957239228
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:
   [7]http://www.aeroporto.catania.it
   I.2)Principali settori di attività
   Attività connesse agli aeroporti
   I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
   L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Appalto per l'affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria Aree a
   Verde Landside e Airside.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Aeroporto Fontanarossa Catania.
   Codice NUTS ITG17
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
   La presente procedura ha per oggetto l'affidamento per la durata di
   anni 3 del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde
   landside e airside dell'aeroporto Fontanarossa Catania e l'assistenza
   full risk del relativo impianto d'irrigazione sia per la parte idrica
   sia per la parte elettrica, come meglio specificato nel Capitolato
   Speciale Descrittivo e Prescrizionale.
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   77310000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 739 326,15 EUR
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Prezzo più basso
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
   aggiudicatore:
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 156-287493 del 14.8.2015
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: no
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   TAR Sicilia sezione staccata di Catania
   Via Milano 42/B
   95127 Catania
   ITALIA
   Posta elettronica: [9]tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
   Telefono: +39 0957530411
   Indirizzo internet: [10]http://www.giustizia-amministrativa.it
   Fax: +39 0957221318
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Scunthorpe: - UK-Scunthorpe
Softwarepaket und Informationssysteme
Dokument Nr...: 7473-2016 (ID: 2016011212465045092)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  UK-Scunthorpe:
   2016/S 7/2016 7473
   Vorinformation
   Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   North Lincolnshire Borough Council
   Civic Centre, Ashby Road
   Scunthorpe
   DN16 1AB
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Kontaktstelle(n): Sharon Seddon
   Telefon: +44 1724297922
   E-Mail: [5]sharon.seddon@northlincs.gov.uk
   NUTS-Code: UKE13
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [6]www.northlincs.gov.uk
   Adresse des Beschafferprofils:
   [7]http://www.northlincs.gov.uk/procurement
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Soft Market Testing for On-line Dinner Money Solutions.
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   48000000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   North Lincolnshire Council is undertaking a soft market testing
   exercise to help it determine the best way to support its School
   catering service and Schools with regard to online dinner money
   payment. As part of this process it is interested in entering into
   dialogue with market specialists from the industry to provide
   information on what systems are available and what they are capable of.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: UKE13
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   North Lincolnshire Council operate a fully managed catering service
   which currently provides a meals service to over 80 % of the schools
   within North Lincolnshire. As part of continuous improvement, the
   service is looking at the current online payments system in use and
   realise that since award, the market has moved forward. As such, it is
   vital that some information gathering takes place in order to secure
   the optimum system for schools and the council.
   The deadline for Request for Information responses is Friday 29.1.2016,
   12:00.
   Further information can be obtained from http://www.yortender.co.uk
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
   Auftragsbekanntmachung:
   31/05/2016
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   08/01/2016
References
   5. mailto:sharon.seddon@northlincs.gov.uk?subject=TED
   6. http://www.northlincs.gov.uk/
   7. http://www.northlincs.gov.uk/procurement
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Prior Information Notice without
   call for competition - Not applicable
   United Kingdom-Scunthorpe: Software package and information systems
   2016/S 007-007473
   Prior information notice
   This notice is for prior information only
   Services
   Directive 2014/24/EU
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name and addresses
   North Lincolnshire Borough Council
   Civic Centre, Ashby Road
   Scunthorpe
   DN16 1AB
   UNITED KINGDOM
   Contact person: Sharon Seddon
   Telephone: +44 1724297922
   E-mail: [5]sharon.seddon@northlincs.gov.uk
   NUTS code: UKE13
   Internet address(es):
   Main address: [6]www.northlincs.gov.uk
   Address of the buyer profile:
   [7]http://www.northlincs.gov.uk/procurement
   I.2)Joint procurement
   I.3)Communication
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   I.4)Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
   I.5)Main activity
   General public services
   Section II: Object
   II.1)Scope of the procurement
   II.1.1)Title:
   Soft Market Testing for On-line Dinner Money Solutions.
   II.1.2)Main CPV code
   48000000
   II.1.3)Type of contract
   Services
   II.1.4)Short description:
   North Lincolnshire Council is undertaking a soft market testing
   exercise to help it determine the best way to support its School
   catering service and Schools with regard to online dinner money
   payment. As part of this process it is interested in entering into
   dialogue with market specialists from the industry to provide
   information on what systems are available and what they are capable of.
   II.1.5)Estimated total value
   II.1.6)Information about lots
   This contract is divided into lots: no
   II.2)Description
   II.2.1)Title:
   II.2.2)Additional CPV code(s)
   II.2.3)Place of performance
   NUTS code: UKE13
   II.2.4)Description of the procurement:
   North Lincolnshire Council operate a fully managed catering service
   which currently provides a meals service to over 80 % of the schools
   within North Lincolnshire. As part of continuous improvement, the
   service is looking at the current online payments system in use and
   realise that since award, the market has moved forward. As such, it is
   vital that some information gathering takes place in order to secure
   the optimum system for schools and the council.
   The deadline for Request for Information responses is Friday 29.1.2016,
   12:00.
   Further information can be obtained from http://www.yortender.co.uk
   II.2.14)Additional information
   II.3)Estimated date of publication of contract notice:
   31/05/2016
   Section IV: Procedure
   IV.1)Description
   IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
   Section VI: Complementary information
   VI.3)Additional information:
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   08/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Steinschüttungsarbeiten - FR-Lille
Steinschüttungsarbeiten
Dokument Nr...: 7573-2016 (ID: 2016011212473845196)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FR-Lille: Steinschüttungsarbeiten
   2016/S 7/2016 7573
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Voies navigables de France
   37 rue du Plat  BP 725
   Zu Händen von: M. le directeur territorial Nord-Pas-de-Calais de VNF
   59034 Lille Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 320154970
   E-Mail: [4]cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
   Fax: +33 320154971
   Internet-Adresse(n):
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Weitere Auskünfte erteilen: Voies navigables de France  direction
   territoriale Nord  Pas-de-Calais  service maîtrise d'ouvrage
   37 rue du Plat  BP 725
   Kontaktstelle(n): Cellule opérationnelle 2
   Zu Händen von: M. Le Maguet Stéphane
   59034 Lille Cedex
   Telefon: +33 320171962
   E-Mail: [6]smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
   Fax: +33 320170431
   Internet-Adresse:
   [7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Voies navigables de France  direction territoriale Nord 
   Pas-de-Calais
   37 rue du Plat  BP 725
   Kontaktstelle(n): Pôle commande publique
   59034 Lille Cedex
   Telefon: +33 320154970
   E-Mail: [8]cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
   Fax: +33 320154971
   Internet-Adresse:
   [9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Voies navigables de
   France  direction territoriale Nord  Pas-de-Calais
   37 rue du Plat  BP 725
   Kontaktstelle(n): Pôle commande publique
   59034 Lille Cedex
   Telefon: +33 320154970
   Fax: +33 320154971
   Internet-Adresse:
   [10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45252125
   Beschreibung
   Steinschüttungsarbeiten.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr?subject=TED
   5. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   6. mailto:smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr?subject=TED
   7. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   8. mailto:cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr?subject=TED
   9. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
  10. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
OT: 12/01/2016    S7    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Lille: Travaux d'enrochement
   2016/S 007-007573
   Avis de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Voies navigables de France
   37 rue du Plat  BP 725
   À l'attention de: M. le directeur territorial Nord-Pas-de-Calais de VNF
   59034 Lille Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 320154970
   E-mail: [6]cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
   Fax: +33 320154971
   Adresse(s) internet:
   Adresse du profil dacheteur:
   [7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Voies navigables de France  direction territoriale Nord
    Pas-de-Calais  service maîtrise d'ouvrage
   37 rue du Plat  BP 725
   Point(s) de contact: Cellule opérationnelle 2
   À l'attention de: M. Le Maguet Stéphane
   59034 Lille Cedex
   Téléphone: +33 320171962
   E-mail: [8]smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
   Fax: +33 320170431
   Adresse internet:
   [9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
   cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Voies navigables de France  direction territoriale Nord 
   Pas-de-Calais
   37 rue du Plat  BP 725
   Point(s) de contact: Pôle commande publique
   59034 Lille Cedex
   Téléphone: +33 320154970
   E-mail: [10]cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
   Fax: +33 320154971
   Adresse internet:
   [11]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Voies navigables de France  direction territoriale Nord 
   Pas-de-Calais
   37 rue du Plat  BP 725
   Point(s) de contact: Pôle commande publique
   59034 Lille Cedex
   Téléphone: +33 320154970
   Fax: +33 320154971
   Adresse internet:
   [12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
   ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Autre: Gestion et développement de voies navigbales
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
   (phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
   23,221.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Communes de Férin (59), Goeulzin (62) et
   Courchelettes (59).
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
   (phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
   23,221.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45252125
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: oui
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
   (phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
   23,221.
   les travaux consisteront principalement en:
    la démolition du perré type Sensée existant (y/c pieux de fondation
   et éventuelles rehausses en béton armé en partie supérieure du perré)
   sur un linéaire de 1 985 m
    la réalisation de défenses de berge en enrochements, depuis le pied
   de talus du canal, suivant une pente à 2/1, sur un linéaire de 1 985 m,
    le défrichement et l'aménagement (comprenant le terrassement et la
   constitution des digues) du TD n° 85,
    le stockage sur le TD 85 des terres excédentaires issues des
   terrassements nécessaires à la pose des enrochements (prestation de
   base).
    l'évacuation en site classé « installation de stockage de déchets non
   dangereux  ISDND » (prestation supplémentaire éventuelle obligatoire)
   des terres excédentaires issues des terrassements nécessaires à la pose
   des enrochements.
    la suppression du rideau de palplanches situé au niveau du siphon de
   Noyelles du PK 22,567 au PK 22,703
    la reconstitution d'un chemin de halage de largeur 3m50, sur un
   linéaire de 1 985 m, en arrière de la défense de berge en enrochements.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options: La présente consultation prévoit une
   prestation supplémentaire éventuelle au sens de la circulaire du
   26.9.2014 relative au «Guide de bonnes pratiques en matière de marchés
   publics».
   Au sens du droit communautaire, la présente consultation prévoit des
   options: des avenants ou décision de poursuivre ainsi que des marchés
   complémentaires pourront être conclus.
   Conformément au 6°) du II de l'article 35 du code des marchés publics,
   le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la
   procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence
   pour la réalisation de prestations similaires à celles confiées au
   titulaire du présent marché passé après mise en concurrence, sous
   réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus
   tard trois ans à compter de la date de notification du présent marché.
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Origine du financement: VNF 66,7 %, RTE-T (programme 2014/2020) 33,3 %
   * Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées
   dans le cahier des charges;
   * Les prix seront révisables;
   * Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et
   d'un solde;
   * Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30
   jours;
   * Retenue de garantie de 5 % ;
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Nature de l'attributaire, chaque marché sera conclu:
    soit avec un entrepreneur unique;
    soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
   Par ailleurs, le mandataire du groupement ne peut présenter plusieurs
   offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de
   membre d'un ou de plusieurs groupements.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
   description de ces conditions: Il sera fait application de l'article 53
   IV 1° du code des marchés publics.
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Les documents et renseignements qui rendent recevables
   les candidatures en application de l'article 44 du code des marchés
   publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires
   Dc1 et Dc2 téléchargeables sur le site [13]http://www.economie.gouv.fr
   ; La forme juridique du candidat; En cas de groupement, sa nature et le
   nom du mandataire; Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager
   le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les
   habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de
   la passation du marché.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
   et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché,
   réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
   * Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
   les risques professionnels;
   Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré
   comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Le chiffre d'affaires
   annuel, concernant des travaux similaires à l'objet du présent marché
   pour les 3 dernières années, doit être supérieur à 3 000 000 EUR.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou
   exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de
   bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
   indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
   précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
   régulièrement à bonne fin.
   B  capacités professionnelles:
   L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
   économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
   responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché
   La preuve des capacités peut être apportée par des certificats
   d'identité professionnelle ou des références de maîtrise d'oeuvre
   attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
   prestation pour laquelle il se porte candidat.
   C  capacités techniques:
   * Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
   l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières
   années;
   * Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
   technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
   même nature;
   Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
   financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut
   demander que soient également prises en compte les capacités
   professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
   économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant
   entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En
   outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs
   économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un
   engagement écrit de ceux-ci.
   Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
   Expérience: chantiers similaires de mise en oeuvre d'enrochements
   * capacités professionnelles: certificats FNTP ou équivalents (travaux
   de défense de berge):
    14 ouvrages en site maritime ou fluvial
    1 432 enrochement.
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Prix des prestations. Pondération 60
   2. Valeur technique, appréciée au regard des sous-critères prévus au
   règlement de la consultation. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   CP15-051
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Autres publications antérieures
   Numéro de l'avis au JOUE: [14]2014/S 134-239785 du 11.7.2014
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 300 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: oui
   Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Programme européen
   multi-annuel RTET 2014-2020.
   VI.3)Informations complémentaires
   Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
   française ainsi que tous les documents de présentation associés;
   * Unité monétaire utilisée, l'euro;
   * Les offres sont limitées à « une seule variante » par candidat
   * Une visite sur site, à caractère facultatif, peut être organisée à la
   demande du candidat, dans les conditions définies au règlement de la
   consultation
   * À titre indicatif, les travaux commenceront courant 1er semestre 2016
   pour une durée d'un an;
   * Il ne s'agit pas d'un marché à caractère périodique;
   * Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
   communautaires;
   * La présente consultation fait suite à la procédure d'appel d'offres
   ouvert, déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, par décision
   du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 15.4.2015. Référence
   de la précédente publication: BOAMP: avis n° 14-108274 publié le
   17.7.2014  BOAMP n° 135a, annonce n° 243 JOUE: 2014/s 134-239785
   Références du programme: programme européen multi-annuel RTET
   2014-2020.
   * Conformément à l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution
   du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique
   obligatoire.
   Modalités d'ouverture des offres
   * Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Non
   * L'ouverture des plis n'est pas publique.
   Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents
   complémentaires:
   * Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le
   choix du mode de transmission de l'offre;
   * Les documents de la consultation sont disponibles par voie
   électronique sur la plate-forme de dématérialisation
   ([15]http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique
   «Cp15-051 », après avoir installé les pré-requis techniques et avoir
   pris connaissance du manuel d'utilisation.
   Conditions de remise des candidatures et des offres:
   * Les conditions de remise des candidatures et des offres sont précisés
   dans le règlement de la consultation. Les offres transmises par échange
   électronique sur la plate-forme de dématérialisation
   ([16]http://www.marches-publics.gouv.fr) le seront suivant les
   modalités précisées dans le règlement de la consultation.
   En cas de problème technique sur la plateforme des marchés de l'État,
   veuillez contacter le numéro de téléphone suivant: 01.76.64.74.07 ou
   [17]place.support@atexo.com
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Lille
   143 rue Jacquemars Giélée
   59800 Lille
   E-mail: [18]greffe.ta-lille@juradm.fr
   Téléphone: +33 320631300
   Adresse internet: [19]http://lille.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 320631347
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif de Lille
   143 rue Jacquemars Giélée
   59800 Lille
   E-mail: [20]greffe.ta-lille@juradm.fr
   Téléphone: +33 320631300
   Adresse internet: [21]http://lille.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 320631347
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - DE-Berlin
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Kauf von Grundstücken
Dokument Nr...: 7673-2016 (ID: 2016011212483845292)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  DE-Berlin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
   2016/S 7/2016 7673
   Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
   Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
   Ferdinand-Schultze-Straße 71
   Kontaktstelle(n): Vergabestelle der HOWOGE
   Zu Händen von: Herrn Mark Eichert
   13055 Berlin
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 30-5464-2300
   E-Mail: [6]mark.eichert@howoge.de
   Fax: +49 30-5464-2301
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers:
   [7]www.howoge.de
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Sonstige: Landeseigenes Wohnungsunternehmen
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
   1.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber /
   anderer Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber beschafft im Auftrag
   anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Grundstückskaufvertrag; Urkundenrolle Nr. G 2/2016 vom 8.1.2016 des
   Notars Dr. Goecke in Berlin.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Planung und Ausführung
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Erwerb eines Grundstückes in Berlin-Treptow-Köpenick (Grundbuch von
   Treptow) nebst Verpflichtung zur schlüsselfertigen Errichtung von ca.
   128 Wohneinheiten und ca. 28 Stellplätzen.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45200000, 70122200
   II.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer
   Auftragsbekanntmachung / eines Aufrufs zum Wettbewerb
   Begrundung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
   Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der
   Richtlinie 2004/18/EG
   Sonstige Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige
   Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
   Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
   Bei dem Beschaffungsvorgang handelt es sich um einen
   Grundstückskaufvertrag mit zusätzlicher Verpflichtung des
   Grundstücksverkäufers auf den erworbenen Grundstücken ca. 128
   Wohneinheiten durch schlüsselfertige Neuerrichtung herzustellen. Bei
   dem Gesamtvorgang handelt es sich um ein Immobilienbedarfsgeschäft, das
   gemäß Art. 16 der EU-Richtlinie 2004/18/EG bzw. nach § 100 Abs. 5 Nr. 1
   GWB vom Anwendungsbereich des Vergaberechtes ausgenommen ist. Die
   Auftraggeberin veröffentlicht für derartige Geschäfte ein
   Beschafferprofil unter:
   [8]http://www.howoge.de/unternehmen/ankauf-von-immobilien.html
   Stichwort Projektentwicklungen (Wohnbau).
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   V.2)Angaben zu den Angeboten
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LABORGH Projekt 1. GmbH & Co. KG
   Kronprinzendamm 15,
   10711 Berlin
   DEUTSCHLAND
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Berlin
   Martin-Luther-Str. 105
   10825 Berlin
   DEUTSCHLAND
   E-Mail: [9]poststelle@senwtf.berlin.de
   Telefon: +49 3090130
   Internet-Adresse:
   [10]http://www.berlin.de/se/wirtschaft/Vergabe/kammer.html
   Fax: +49 3090138455
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen 30
   Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
References
   6. mailto:mark.eichert@howoge.de?subject=TED
   7. http://www.howoge.de/
   8. http://www.howoge.de/unternehmen/ankauf-von-immobilien.html
   9. mailto:poststelle@senwtf.berlin.de?subject=TED
  10. http://www.berlin.de/se/wirtschaft/Vergabe/kammer.html
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen - IT-Matera
Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
Dokument Nr...: 773-2016 (ID: 2016010209323838069)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  IT-Matera: Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
   2016/S 1/2016 773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Provincia di Matera
   Via Domenico Ridola 60
   Zu Händen von: Giuseppe Tristano
   75100 Matera
   ITALIEN
   Telefon: +39 0835306254
   E-Mail: [4]g.tristano@provincia.matera.it
   Fax: +39 0835312173
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.provincia.matera.it
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71330000
   Beschreibung
   Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 775 190 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   SAIR GEIE  Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica, d'Ingegneria
   Forlì
   ITALIEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 871 000 EUR
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 775 190 EUR
   ohne MwSt
References
   4. mailto:g.tristano@provincia.matera.it?subject=TED
   5. http://www.provincia.matera.it/
OT: 02/01/2016    S1    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
   aperta
   Italia-Matera: Vari servizi di ingegneria
   2016/S 001-000773
   Avviso di aggiudicazione di appalto
   Servizi
   Direttiva 2004/18/CE
   Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
   I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
   Provincia di Matera
   Via Domenico Ridola 60
   All'attenzione di: Giuseppe Tristano
   75100 Matera
   ITALIA
   Telefono: +39 0835306254
   Posta elettronica: [6]g.tristano@provincia.matera.it
   Fax: +39 0835312173
   Indirizzi internet:
   Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
   [7]www.provincia.matera.it
   I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
   Autorità regionale o locale
   I.3)Principali settori di attività
   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
   I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
   aggiudicatrici
   L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
   amministrazioni aggiudicatrici: no
   Sezione II: Oggetto dell'appalto
   II.1)Descrizione
   II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
   Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva per la
   realizzazione del «Sistema logistico intermodale integrato nell'area
   retrostante il porto di Taranto-2013-IT-91021-S, finalizzato alla
   realizzazione della Piattaforma Logistica di Ferrandina (MT)», CIG:
   62788173B3.
   II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
   Servizi
   Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti allarchitettura e
   allingegneria, anche integrata; servizi attinenti allurbanistica e
   alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
   servizi di sperimentazione tecnica e analisi
   Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
   o di prestazione dei servizi: Comune di Ferrandina  Area industriale
   Valle del Basento  Italia.
   Codice NUTS ITF52
   II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
   acquisizione (SDA)
   II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
   Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva per la
   realizzazione del «Sistema logistico intermodale integrato nell'area
   retrostante il porto di Taranto-2013-IT-91021-S, finalizzato alla
   realizzazione della Piattaforma Logistica di Ferrandina (MT)».
   II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
   71330000
   II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
   II.2)Valore finale totale degli appalti
   II.2.1)Valore finale totale degli appalti
   Valore: 775 190 EUR
   IVA esclusa
   Sezione IV: Procedura
   IV.1)Tipo di procedura
   IV.1.1)Tipo di procedura
   Aperta
   IV.2)Criteri di aggiudicazione
   IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
   Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
   1. Professionalità e capacità aziendale. Ponderazione 20
   2. Sicurezza e cantierabilità dei lavori. Ponderazione 20
   3. B. Soluzioni progettuali atte a garantire elevate caratteristiche
   tecnico-prestazionali che garantiscano agli edifici la migliore classe
   energetica. Ponderazione 20
   4. Studio veicolare e della logistica. Ponderazione 15
   5. Prezzo (ribasso sul prezzo). Ponderazione 15
   6. Tempo (ribasso sul tempo). Ponderazione 10
   IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
   Ricorso ad un'asta elettronica: no
   IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
   IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
   aggiudicatrice
   CIG: 62788173B3
   IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
   Bando di gara
   Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 132-243408 del 11.7.2015
   Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
   V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
   5.11.2015
   V.2)Informazioni sulle offerte
   Numero di offerte pervenute: 11
   V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
   stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
   SAIR GEIE  Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica, d'Ingegneria
   Forlì
   ITALIA
   V.4)Informazione sul valore dell'appalto
   Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
   Valore: 871 000 EUR
   IVA esclusa
   Valore finale totale dellappalto:
   Valore: 775 190 EUR
   IVA esclusa
   V.5)Informazioni sui subappalti
   È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
   Sezione VI: Altre informazioni
   VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
   L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
   dell'Unione europea: sì
   Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Programma europeo
   Trans-European Transport Network (TEN-T).
   VI.2)Informazioni complementari:
   VI.3)Procedure di ricorso
   VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
   VI.3.2)Presentazione di ricorsi
   VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
   presentazione dei ricorsi
   Provincia di Matera  Ufficio Appalti
   Via D. Ridola 60
   75100 Matera
   ITALIA
   Posta elettronica: [9]g.tristano@provincia.matera.it
   Telefono: +39 0835306254
   VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
   30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DE-Erfurt
Arzneimittel
Dokument Nr...: 7773-2016 (ID: 2016011212501145405)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  DE-Erfurt: Arzneimittel
   2016/S 7/2016 7773
   AOK Plus  Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, Stabsbereich
   Recht, Referat Zentrale Vergabestelle, Augustinerstraße 38, Zu Händen
   von: Herrn Rechtsanwalt Sören Rabe, Erfurt 99084, DEUTSCHLAND. E-Mail:
   vergabestelle@plus.aok.de
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 12.11.2014, [1]2014/S
   218-385128)
   Betr.:
   CPV:33600000
   Arzneimittel
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
   Weitere zusätzliche Informationen
   Aufgrund des Abschlusses einer exklusiven Rabattvereinbarung zu dem
   Wirkstoff Moxifloxacin (EU-Bekanntmachung: ABI: [2]2015/S 233-423304
   vom 2.12.2015) endet dieses open-house-Verfahren und damit alle in
   diesem Verfahren geschlossenen Rabattvereinbarungen automatisch zum
   31.3.2016.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385128-2014:TEXT:DE:HTML
   2. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423304-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betankung von Flugzeugen - FR-Ota
Betankung von Flugzeugen
Straßentransport/-beförderung
Dokument Nr...: 7873-2016 (ID: 2016011212512045505)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FR-Ota: Betankung von Flugzeugen
   2016/S 7/2016 7873
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville d'Ota
   Mairie d'Ota
   Zu Händen von: M. de Pianelli Pierre Paul
   20150 Ota
   FRANKREICH
   Telefon: +33 495261005
   E-Mail: [4]mairie.ota@wanadoo.fr
   Fax: +33 495261412
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ota-porto.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.klekoon.com/
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [7]http://www.klekoon.com/
   Weitere Auskünfte erteilen: Corse topographie et ingénierie
   RN 193  espace Ceppe
   20620 Biguglia
   Telefon: +33 495338568
   E-Mail: [8]cabinet.bernardini@orange.fr
   Fax: +33 495336594
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   63733000, 60100000
   Beschreibung
   Betankung von Flugzeugen.
   Straßentransport/-beförderung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. mailto:mairie.ota@wanadoo.fr?subject=TED
   5. http://www.ota-porto.fr/
   6. http://www.klekoon.com/
   7. http://www.klekoon.com/
   8. mailto:cabinet.bernardini@orange.fr?subject=TED
OT: 12/01/2016    S7    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
   ouverte
   France-Ota: Services d'avitaillement
   2016/S 007-007873
   Avis de marché
   Fournitures
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville d'Ota
   Mairie d'Ota
   À l'attention de: M. de Pianelli Pierre Paul
   20150 Ota
   FRANCE
   Téléphone: +33 495261005
   E-mail: [6]mairie.ota@wanadoo.fr
   Fax: +33 495261412
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.ota-porto.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.klekoon.com/
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [9]http://www.klekoon.com/
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Corse topographie et ingénierie
   RN 193  espace Ceppe
   20620 Biguglia
   Téléphone: +33 495338568
   E-mail: [10]cabinet.bernardini@orange.fr
   Fax: +33 495336594
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: non
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   Marché à bons de commande pour la fourniture des carburants de Port de
   plaisance de Porto (2016  2020).
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Fournitures
   Achat
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Marine de Porto, 20150 Ota.
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   L'avis concerne un marché public
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Fourniture de carburants  maintenance des équipements de stockage et
   de comptage.
   Marché renouvelable 3 fois (durée totale max = 4 ans.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   63733000, 60100000
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Supercarburant Sp95: 100 000 à 230 000 L;
   Supercarburant Sp95 détaxé: 380 000 à 650 000 L;
   Gazole: 30 000 à 100 000 L;
   Gazole détaxé: 380 000 à 504 000 L;
   Total: 890 000 à 1 484 000 L.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: non
   II.2.3)Reconduction
   Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
   Nombre de reconductions éventuelles: 3
   dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles
   d'être reconduits, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
   en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Aucun.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   III.1.4)Autres conditions particulières
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Formulaires Dc1 et Dc2 dûment rempli.
   Copie du ou des jugements si le candidat est en redressement
   judiciaire.
   Extrait du K-Bis.
   Attestation d'assurance contre les risques professionnels.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   III.2.3)Capacité technique
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Prix le plus bas
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   26.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
   Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les
   modalités d'ouverture: La Commission d'appel d'offre sera constituée
   selon les dispositions des articles 22 et 23 du code des marchés
   publics.
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Bastia
   Villa Montepiano
   20407 Bastia
   E-mail: [11]greffe.ta-bastia@juradm.fr
   Téléphone: +33 495328866
   Adresse internet: [12]http://www.bastia.tribunal-administratif.fr/
   Fax: +33 495323855
   VI.4.2)Introduction des recours
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker) - MT-Floriana
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker)
Dokument Nr...: 7973-2016 (ID: 2016011212524545579)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  MT-Floriana: Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker)
   2016/S 7/2016 7973
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Department of Contracts
   Notre Dame Ravelin
   Floriana
   FRN 1600
   MALTA
   Telefon: +356 21220212
   E-Mail: [4]info.contracts@gov.mt
   Fax: +356 21247681
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.contracts.gov.mt
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.etenders.gov.mt/epps
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://www.etenders.gov.mt/epps
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://www.etenders.gov.mt/epps
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33622600
   Beschreibung
   Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker).
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 168 978,21 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Cherubino Ltd
   Delf Building, Sliema Road
   Gzira (Il-Gira)
   GZR 1637
   MALTA
   E-Mail: [9]david@cherubino.com.mt
   Telefon: +356 21343270
   Fax: +356 21330916
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 168 978,21 EUR
References
   4. mailto:info.contracts@gov.mt?subject=TED
   5. http://www.contracts.gov.mt/
   6. https://www.etenders.gov.mt/epps
   7. https://www.etenders.gov.mt/epps
   8. https://www.etenders.gov.mt/epps
   9. mailto:david@cherubino.com.mt?subject=TED
OT: 12/01/2016    S7    - - Supplies - Contract award notice - Open
   procedure
   Malta-Floriana: Beta-blocking agents
   2016/S 007-007973
   Contract award notice
   Supplies
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Department of Contracts
   Notre Dame Ravelin
   Floriana
   FRN 1600
   MALTA
   Telephone: +356 21220212
   E-mail: [6]info.contracts@gov.mt
   Fax: +356 21247681
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [7]www.contracts.gov.mt
   Address of the buyer profile: [8]https://www.etenders.gov.mt/epps
   Electronic access to information: [9]https://www.etenders.gov.mt/epps
   Electronic submission of tenders and requests to participate:
   [10]https://www.etenders.gov.mt/epps
   I.2)Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their
   regional or local sub-divisions
   I.3)Main activity
   Health
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract
   Tender for the Supply of Atenolol Preparations.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Supplies
   NUTS code MT00
   II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system (DPS)
   II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
   Atenolol Preparations.
   II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   33622600
   II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   yes
   II.2)Total final value of contract(s)
   II.2.1)Total final value of contract(s)
   Value: 168 978,21 EUR
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Open
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   Lowest price
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction has been used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
   CT2197/2014
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   Section V: Award of contract
   Contract No: 1
   V.1)Date of contract award decision:
   30.7.2015
   V.2)Information about offers
   Number of offers received: 5
   V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
   contract award decision has been taken
   Cherubino Ltd
   Delf Building, Sliema Road
   Gzira (Il-Gira)
   GZR 1637
   MALTA
   E-mail: [11]david@cherubino.com.mt
   Telephone: +356 21343270
   Fax: +356 21330916
   V.4)Information on value of contract
   Total final value of the contract:
   Value: 168 978,21 EUR
   V.5)Information about subcontracting
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.2)Additional information:
   Payment Options: No payment for documentation.
   VI.3)Procedures for appeal
   VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.3.2)Lodging of appeals
   VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Orthopädische Prothesen - PL-Bydgoszcz
Orthopädische Prothesen
Knochenbruchvorrichtungen, Stifte und Platten
Orthopädische Implantate
Dokument Nr...: 8073-2016 (ID: 2016011212541045676)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  PL-Bydgoszcz: Orthopädische Prothesen
   2016/S 7/2016 8073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny
   Zakad Opieki Zdrowotnej
   ul. Powstaców Warszawy 5
   Kontaktstelle(n): Sekcja Zamówie Publicznych
   Zu Händen von: Barbara Baranowska
   85-681 Bydgoszcz
   POLEN
   Telefon: +48 261417449
   E-Mail: [4]bbaranowska@10wsk.mil.pl
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.10wsk.mil.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   33183200, 33141770, 33183100
   Beschreibung
   Orthopädische Prothesen.
   Knochenbruchvorrichtungen, Stifte und Platten.
   Orthopädische Implantate.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 7 763 328,79 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Implantcast Polska Sp. z o.o.
   Postpu 21B
   02-676 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 138 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 149 040 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 261 200 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 273 456 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 240 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 254 880 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 420 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 384 622,56 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 23 328 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 300 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 324 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   C2PL Implanty Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/3
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 572 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 617 760 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 173 200 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 191 376 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 263 856 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 284 316,48 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 234 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 242 676 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 171 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 184 680 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 12
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 37 800 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 13
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 54 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 58 320 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 14
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 108 744 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 117 443,52 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 15
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 137 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 148 500 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 16
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 205 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 232 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 17 Los-Nr: 17
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 103 450 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 111 726 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 18
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 106 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 114 480 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 19
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 61 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 65 880 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 20
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp.z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 20 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 600 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 21
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 18 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 440 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 22 Los-Nr: 22
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 18 900 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 23 Los-Nr: 23
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 230 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 246 240 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 24 Los-Nr: 24
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 331 200 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 357 696 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 25 Los-Nr: 25
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   C2PL Implanty Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/3
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 424 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 457 920 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 26 Los-Nr: 26
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 250 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 270 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 27 Los-Nr: 27
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 322 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 328 860 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 28 Los-Nr: 28
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 174 800 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 140 940 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 29 Los-Nr: 29
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 100 800 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 108 864 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 30 Los-Nr: 30
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 30 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 32 400 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 31 Los-Nr: 31
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 340 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 38 167,20 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 32 Los-Nr: 32
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 29 880 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 32 270,40 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 33 Los-Nr: 33
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 14 190 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 15 325,20 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 34 Los-Nr: 34
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 38 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 40 996,80 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 35 Los-Nr: 35
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 44 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 47 520 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 36 Los-Nr: 36
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 160 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 172 800 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 37 Los-Nr: 37
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 315 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 968,36 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 38 Los-Nr: 38
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 85 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 91 800 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 39 Los-Nr: 41
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 64 800 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 40 Los-Nr: 42
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 46 250 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 49 950 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 41 Los-Nr: 43
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 27 540 und höchstes Angebot 37 584 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 42 Los-Nr: 44
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 40 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 38 800 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 43 Los-Nr: 45
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 65 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 70 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 44 Los-Nr: 46
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 46 250 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 49 950 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 45 Los-Nr: 47
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 37 350 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 640 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 46 Los-Nr: 48
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 25 950 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 640 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 47 Los-Nr: 49
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 56 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 480 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 48 Los-Nr: 50
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 11 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 480 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 49 Los-Nr: 51
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 11 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 480 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 50 Los-Nr: 52
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 34 800 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 536 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 51 Los-Nr: 54
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 18 440 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 332 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 52 Los-Nr: 55
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   ChM Sp. z o.o.
   Lewickie 3b
   16-061 Juchnowiec Kocielny
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 36 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 42 120 und höchstes Angebot 45 900 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 53 Los-Nr: 56
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 48 400 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 51 408 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 54 Los-Nr: 57
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 250 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 55 Los-Nr: 58
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 46 250 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 37 530 und höchstes Angebot 44 280 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 56 Los-Nr: 59
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 50 400 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 54 432 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 57 Los-Nr: 60
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 84 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 16 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 58 Los-Nr: 61
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 252 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 24 300 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 59 Los-Nr: 62
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 6 372 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 60 Los-Nr: 65
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 800 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 050 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 61 Los-Nr: 66
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp.z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 95 300 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 102 330 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 62 Los-Nr: 67
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 57 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 61 560 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 63 Los-Nr: 68
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 993,60 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 64 Los-Nr: 69
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 15 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 16 740 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 65 Los-Nr: 70
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medok Olaf Korgel
   Reymonta 7
   48-250 Gogówek
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 900 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 2 268 und höchstes Angebot 3 132 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 66 Los-Nr: 71
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Arno  Med Sp. z o.o.
   Kolejowa 24
   55-081 Mietków
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 400 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 747,36 und höchstes Angebot 1 512 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 67 Los-Nr: 72
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Biotech Sp. z o.o.
   Rzeszów
   35-105 Rzeszów
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 16 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 15 199,92 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 68 Los-Nr: 73
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 57 800 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 59 400 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 69 Los-Nr: 74
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 51 075 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 53 460 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 70 Los-Nr: 75
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 728 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 71 Los-Nr: 78
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 23 112 und höchstes Angebot 25 920 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 72 Los-Nr: 79
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 29 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 30 240 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 73 Los-Nr: 81
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 340 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 18 727,20 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 74 Los-Nr: 82
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 600 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 75 Los-Nr: 84
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 370 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 367,79 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 76 Los-Nr: 85
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 520 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 296 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 77 Los-Nr: 86
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 10 320 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 11 145,60 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 78 Los-Nr: 87
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 750 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 022 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 79 Los-Nr: 88
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 160 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 572,80 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 80 Los-Nr: 89
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 240 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 81 Los-Nr: 90
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 33 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 640 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 82 Los-Nr: 91
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 620 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 83 Los-Nr: 92
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 33 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 640 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 84 Los-Nr: 93
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Med&Care Tomasz Witkowski
   Chwaszczyska 170
   81-571 Gdynia
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 42 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 45 360 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 85 Los-Nr: 94
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   KOMAK Sp.z o.o.
   Skibowa 39
   61-306 Pozna
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 71 250 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 76 950 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 86 Los-Nr: 95
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Arno  Med Sp. z o.o.
   Kolejowa 24
   55-081 Mietków
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 8 500 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 7 830 und höchstes Angebot 9 180 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 87 Los-Nr: 96
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 2 160 und höchstes Angebot 2 646 EUR
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 88 Los-Nr: 97
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 650 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 1 836 und höchstes Angebot 2 484 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 89 Los-Nr: 98
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 200 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 200 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 90 Los-Nr: 99
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 200 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 4 536 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 91 Los-Nr: 100
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 400 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 3 240 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 92 Los-Nr: 101
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 68 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Niedrigstes Angebot 57 240 und höchstes Angebot 72 576 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
   Auftrags-Nr: 93 Los-Nr: 102
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Med&Care Tomasz Witkowski
   Chwaszczyska 170
   81-571 Gdynia
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 600 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 29 808 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
   Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
   Anzahl der Monate: 24
References
   4. mailto:bbaranowska@10wsk.mil.pl?subject=TED
   5. http://www.10wsk.mil.pl/
OT: 12/01/2016    S7    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Procedura otwarta
   Polska-Bydgoszcz: Protezy ortopedyczne
   2016/S 007-008073
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny
   Zakad Opieki Zdrowotnej
   ul. Powstaców Warszawy 5
   Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówie Publicznych
   Osoba do kontaktów: Barbara Baranowska
   85-681 Bydgoszcz
   POLSKA
   Tel.: +48 261417449
   E-mail: [6]bbaranowska@10wsk.mil.pl
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.10wsk.mil.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Inna: samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Zdrowie
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Dostawy sukcesywne endoprotez i materiaów potrzebnych przy zamaniach
   dla Ortopedii na okres 24 miesicy.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Siedziba Zamawiajcego.
   Kod NUTS PL
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Protezy powierzchniowe, krtarzowe, protezy cementowe, bezcementowe,
   protezy bipolarne, rewizyjne, pytki do zespalania koci, pyty
   dynamiczne, pyty LCP, pytki ktowo-stabilne, gwodzie ródszpikowe,
   system pyt, implanty do osteotomii, cement, zestawy do mieszania
   próniowego, mieszalniki do mieszania próniowego, system Pulse Lavage,
   substytut koci, druty K, implanty do rekonstrukcji ACL, zestawy do
   szycia kotek, kotwica do szycia obrbka, kaniule do artroskopii
   barku, spacer stawu kolanowego i biodrowego, piny do regeneracji
   chrzstki stawowej, ruby korowe, pyty szerokie, pyty wskie,
   materia kociozastpczy z antybiotykiem..
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   33183200, 33141770, 33183100
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): nie
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 7 763 328,79 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Otwarta
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
   1. Cena. Waga 98
   2. Termin uzupenienia banku. Waga 2
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   sprawa 80/2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   Ogoszenie o zamówieniu
   Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 190-344015 z dnia 1.10.2015
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Proteza powierzchniowa
   cementowana stawu biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Implantcast Polska Sp. z o.o.
   Postpu 21B
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 138 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 149 040 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 261 200 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 273 456 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 240 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 254 880 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 420 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 384 622,56 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Cement kostny
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 21 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 23 328 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
   biodrowego typu short stem z du gow
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 300 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 324 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   C2PL Implanty Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/3
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 572 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 617 760 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 173 200 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 191 376 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 9 Cz nr: 9 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 263 856 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 284 316,48 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 10 Cz nr: 10 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 234 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 242 676 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 11 Cz nr: 11 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 171 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 184 680 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 12 Cz nr: 12 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 35 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 37 800 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 13 Cz nr: 13 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 54 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 58 320 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 14 Cz nr: 14 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
   biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 108 744 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 117 443,52 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 15 Cz nr: 15 - Nazwa: Proteza bipolarna stawu
   biodrowego bezcementowa
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 137 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 148 500 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 16 Cz nr: 16 - Nazwa: Proteza biopolarna stawu
   biodrowego cementowana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 205 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 232 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 17 Cz nr: 17 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 103 450 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 111 726 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 18 Cz nr: 18 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 106 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 114 480 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 19 Cz nr: 19 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 61 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 65 880 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 20 Cz nr: 20 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp.z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 20 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 21 600 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 21 Cz nr: 21 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 18 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 19 440 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 22 Cz nr: 22 - Nazwa: Proteza jednoprzedziaowa
   kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 17 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 18 900 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 23 Cz nr: 23 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 230 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 246 240 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 24 Cz nr: 24 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 331 200 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 357 696 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 25 Cz nr: 25 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   C2PL Implanty Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/3
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 424 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 457 920 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 26 Cz nr: 26 - Nazwa: Proteza cementowana kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 250 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 270 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 27 Cz nr: 27 - Nazwa: Proteza cementowana kolana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 322 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 328 860 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 28 Cz nr: 28 - Nazwa: Proteza rewizyjna kolana
   cementowana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 174 800 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 140 940 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 29 Cz nr: 29 - Nazwa: Proteza rewizyjna kolana
   cementowana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 100 800 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 108 864 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 30 Cz nr: 30 - Nazwa: Proteza okcia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 30 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 32 400 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 31 Cz nr: 31 - Nazwa: Endoproteza barku urazowa
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 35 340 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 38 167,20 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 32 Cz nr: 32 - Nazwa: Endoproteza barku cementowana
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 29 880 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 32 270,40 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 33 Cz nr: 33 - Nazwa: Proteza moduowa gowy koci
   promieniowej bezcementowa
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 14 190 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 15 325,20 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 34 Cz nr: 34 - Nazwa: Endoproteza barku odwrócona
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 38 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 40 996,80 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 35 Cz nr: 35 - Nazwa: Proteza stawu skokowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 44 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 47 520 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 36 Cz nr: 36 - Nazwa: Protezy stawów MTP
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 160 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 172 800 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 37 Cz nr: 37 - Nazwa: Proteza nadgarstka
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 21 315 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 22 968,36 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 38 Cz nr: 38 - Nazwa: Pytki do zespalania nasady
   bliszej koci ramiennej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 85 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 91 800 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 39 Cz nr: 41 - Nazwa: Pyty LCP  nasada blisza
   koci piszczelowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 60 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 64 800 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 40 Cz nr: 42 - Nazwa: Pyty-LCP nasada dalsza koci
   piszczelowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 46 250 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 49 950 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 41 Cz nr: 43 - Nazwa: Pytki do zespole koci stopy
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 27 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 27 540 i najwysza oferta 37 584 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 42 Cz nr: 44 - Nazwa: Pytki proste ktowo-stabilne
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 40 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 38 800 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 43 Cz nr: 45 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
   zespole koci strzakowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 65 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 70 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 44 Cz nr: 46 - Nazwa: Pyty LCP  nasada dalsza koci
   piszczelowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 46 250 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 49 950 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 45 Cz nr: 47 - Nazwa: Pytki ktowo  stabilne do
   zespole obojczyka
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 37 350 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 35 640 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 46 Cz nr: 48 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
   zespole nasady dalszej koci ramiennej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 25 950 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 35 640 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 47 Cz nr: 49 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
   zespole nasady dalszej koci promieniowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 56 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 60 480 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 48 Cz nr: 50 - Nazwa: Pytki ktowo  stabilne do
   zespole koci rki
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 11 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 6 480 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 49 Cz nr: 51 - Nazwa: Pytki ktowo  stabilne do
   zespole koci rki
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker polska Sp. z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 11 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 6 480 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 50 Cz nr: 52 - Nazwa: Pytki ktowo  stabilne do
   zespole koci rki
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 34 800 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 536 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 51 Cz nr: 54 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
   zespole zama koci ramiennej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 18 440 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 19 332 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 52 Cz nr: 55 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
   zespole zama koci udowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   ChM Sp. z o.o.
   Lewickie 3b
   16-061 Juchnowiec Kocielny
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 36 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 42 120 i najwysza oferta 45 900 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 53 Cz nr: 56 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
   zespole zama koci udowej Gamma
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 48 400 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 51 408 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 54 Cz nr: 57 - Nazwa: Gwód rekonstrukcyjny do
   stabilizacji koci udowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 4 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 250 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 55 Cz nr: 58 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
   zespole zama koci piszczelowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 46 250 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 37 530 i najwysza oferta 44 280 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 56 Cz nr: 59 - Nazwa: System pyt do zama
   okooprotezowych
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 50 400 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 54 432 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 57 Cz nr: 60 - Nazwa: System kabli do zama
   okooprotezowych
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 84 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 16 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 58 Cz nr: 61 - Nazwa: System kabli do zama
   okooprotezowych
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 252 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 24 300 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 59 Cz nr: 62 - Nazwa: Elastyczne prty do zespole
   koci dugich u dzieci
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 5 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 6 372 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 60 Cz nr: 65 - Nazwa: ruby kaniulowane
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 3 800 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 050 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 61 Cz nr: 66 - Nazwa: Implanty do osteotomii
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp.z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 95 300 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 102 330 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 62 Cz nr: 67 - Nazwa: Cement kostny, mieszalniki
   próniowe do cementu oraz pukanie pulsacyjne
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 57 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 61 560 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 63 Cz nr: 68 - Nazwa: Substytuty koci
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   LIT Sp. z o.o.
   Jelenia 34
   70-791 Szczecin
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 21 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 27 993,60 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 64 Cz nr: 69 - Nazwa: System do osteotomii koci
   piszczelowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Ralf Medical Sp. z o.o.
   Sieradzka 10/1
   60-163 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 15 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 16 740 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 65 Cz nr: 70 - Nazwa: Druty K
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medok Olaf Korgel
   Reymonta 7
   48-250 Gogówek
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 900 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 2 268 i najwysza oferta 3 132 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 66 Cz nr: 71 - Nazwa: Cerclage plastyczny
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 3
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Arno  Med Sp. z o.o.
   Kolejowa 24
   55-081 Mietków
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 400 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 747,36 i najwysza oferta 1 512 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 67 Cz nr: 72 - Nazwa: Zestaw do przygotowania
   bogatopytkowych czynników wzrostu
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Biotech Sp. z o.o.
   Rzeszów
   35-105 Rzeszów
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 16 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 15 199,92 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 68 Cz nr: 73 - Nazwa: Zestaw do pozyskania oraz
   podania trombiny i PRP
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 57 800 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 59 400 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 69 Cz nr: 74 - Nazwa: Implanty do rekonstrukcji ACL
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 51 075 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 53 460 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 70 Cz nr: 75 - Nazwa: Narzdzie di chirurgii
   endoskopowej barku
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 728 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 71 Cz nr: 78 - Nazwa: Zestaw do szycia kotek
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 21 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 23 112 i najwysza oferta 25 920 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 72 Cz nr: 79 - Nazwa: Zestaw do szycia kotek
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Smith & Nephew Sp. z o.o.
   Marynarska 15
   02-674 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 29 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 30 240 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 73 Cz nr: 81 - Nazwa: Kotwica do szycia obrbka
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 17 340 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 18 727,20 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 74 Cz nr: 82 - Nazwa: Kotwica do szycia obrbka
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 22 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 21 600 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 75 Cz nr: 84 - Nazwa: Instrumentarium wielorazowe do
   leczenia niestabilnoci barków
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 370 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 2 367,79 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 76 Cz nr: 85 - Nazwa: Kaniula do artroskopii barku
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 520 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 296 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 77 Cz nr: 86 - Nazwa: Zestaw do plastyki stoka
   rotatorów
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 10 320 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 11 145,60 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 78 Cz nr: 87 - Nazwa: Zestaw do plastyki przyczepów
   mini i wizade
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 4 750 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 5 022 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 79 Cz nr: 88 - Nazwa: Zestaw do plastyki przyczepów
   mini i wizade
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 5 160 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 5 572,80 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 80 Cz nr: 89 - Nazwa: Spacer stawu kolanowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 3 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 240 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 81 Cz nr: 90 - Nazwa: Spacer stawu kolanowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp. z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 33 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 35 640 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 82 Cz nr: 91 - Nazwa: Spacer stawu biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
   Powiecka 75
   04-501 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 620 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 83 Cz nr: 92 - Nazwa: Spacer stawu biodrowego
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Aesculap Chifa Sp.z o.o.
   Tysiclecia 14
   64-300 Nowy Tomyl
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 33 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 35 640 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 84 Cz nr: 93 - Nazwa: Piny do regeneracji chrzstki
   stawowej
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Med&Care Tomasz Witkowski
   Chwaszczyska 170
   81-571 Gdynia
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 42 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 45 360 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 85 Cz nr: 94 - Nazwa: System syntetycznych wizade
   kolanowych
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   KOMAK Sp.z o.o.
   Skibowa 39
   61-306 Pozna
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 71 250 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 76 950 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 86 Cz nr: 95 - Nazwa: ruby korowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Arno  Med Sp. z o.o.
   Kolejowa 24
   55-081 Mietków
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 8 500 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 7 830 i najwysza oferta 9 180 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 87 Cz nr: 96 - Nazwa: ruby gbczaste
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 2 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 2 160 i najwysza oferta 2 646 EUR
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 88 Cz nr: 97 - Nazwa: ruby kostkowe
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 650 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 1 836 i najwysza oferta 2 484 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 89 Cz nr: 98 - Nazwa: Pyty wskie
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp. z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 5 200 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 5 200 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 90 Cz nr: 99 - Nazwa: Pyty szerokie
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 4 200 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 4 536 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 91 Cz nr: 100 - Nazwa: Pyty póokrge
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Medgal Sp.z o.o.
   Wska 59
   15-122 Biaystok
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 3 400 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 3 240 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 92 Cz nr: 101 - Nazwa: Aparat zewntrzny
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 2
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Stryker Polska Sp.z o.o.
   Poleczki 35
   02-822 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 68 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Najnisza oferta 57 240 i najwysza oferta 72 576 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Zamówienie nr: 93 Cz nr: 102 - Nazwa: Materia kociozastpczy z
   antybiotykiem
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   2.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Med&Care Tomasz Witkowski
   Chwaszczyska 170
   81-571 Gdynia
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 27 600 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 29 808 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
   Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
   liczb miesicy: 24
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt
   Faks: +48 224587800
   Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
   jw
   POLSKA
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z
   dziaem VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
   Tel.: +48 224587801
   Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt
   Faks: +48 224587800
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungs- und Hygienedienste - SE-Tanumshede
Reinigungs- und Hygienedienste
Reinigungsdienste
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
Dokument Nr...: 8173-2016 (ID: 2016011212550445779)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  SE-Tanumshede: Reinigungs- und Hygienedienste
   2016/S 7/2016 8173
   Tanums kommun, 212000-1348, , Zu Händen von: Ingrid Karlsson,
   Tanumshede 457 81, SCHWEDEN. Telefon: +46 52518147. Fax: +46 52518310.
   E-Mail: ingrid.karlsson@tanum.se
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 15.12.2015, [1]2015/S
   242-439702)
   Betr.:
   CPV:90900000, 90910000, 90911000, 90919000
   Reinigungs- und Hygienedienste
   Reinigungsdienste
   Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
   Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
   Anstatt:
   IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling:
   25.1.2016
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   25.1.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   24.4.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   26.1.2016
   muss es heißen:
   IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling:
   8.2.2016
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   8.2.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   8.5.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   9.2.2016
   Weitere zusätzliche Informationen
   Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439702-2015:TEXT:DE:HTML
   2. http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
OT: 12/01/2016    S7    - - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet
   förfarande
   Sverige-Tanumshede: Städning och renhållning
   2016/S 007-008173
   Tanums kommun, 212000-1348, , Att: Ingrid Karlsson, Tanumshede 457 81,
   SVERIGE. Telefon: +46 52518147. Fax: +46 52518310. E-post:
   ingrid.karlsson@tanum.se
   (Tillägg till Europeiska unionens officiella tidnin, 15.12.2015,
   [1]2015/S 242-439702)
   Angående:
   CPV:90900000, 90910000, 90911000, 90919000
   Städning och renhållning
   Städning
   Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
   Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
   I stället för:
   IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling:
   25.1.2016
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   25.1.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   24.4.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   26.1.2016
   Skall det stå:
   IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
   handlingar eller beskrivande handling:
   8.2.2016
   IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
   8.2.2016
   IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
   anbud:
   8.5.2016
   IV.3.8) Anbudsöppning:
   9.2.2016
   Övriga ytterligare upplysningar
   Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe - UK-Banbury
Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe
Abholung von Siedlungsabfällen
Recycling von Siedlungsabfällen
Umweltmanagement
Dokument Nr...: 8273-2016 (ID: 2016011212562845878)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  UK-Banbury: Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe
   2016/S 7/2016 8273
   Vorinformation
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Waste and Resources Action Programme
   Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street
   Zu Händen von: Lucy Cooper
   OX16 5BH Banbury
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1295817850
   E-Mail: [3]lucy.cooper@wrap.org.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.wrap.org.uk
   Adresse des Beschafferprofils: [5]www.wrap.org.uk/tenders
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
   II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   Beschreibung
   Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe .
   Abholung von Siedlungsabfällen .
   Recycling von Siedlungsabfällen .
   Umweltmanagement .
   II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren
   1.5.2016
References
   3. mailto:lucy.cooper@wrap.org.uk?subject=TED
   4. http://www.wrap.org.uk/
   5. http://www.wrap.org.uk/tenders
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Prior Information Notice without
   call for competition - Not applicable
   United Kingdom-Banbury: Recovered secondary raw materials
   2016/S 007-008273
   Prior information notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Waste and Resources Action Programme
   Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street
   For the attention of: Lucy Cooper
   OX16 5BH Banbury
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1295817850
   E-mail: [5]lucy.cooper@wrap.org.uk
   Internet address(es):
   General address of the contracting authority: [6]www.wrap.org.uk
   Address of the buyer profile: [7]www.wrap.org.uk/tenders
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.3)Main activity
   Environment
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
   II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   WEEE Collection and Critical Raw Material Recovery Trials.
   II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
   Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation
   and similar services
   NUTS code DE,UK,IT,TR
   II.3)Information on framework agreement
   II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
   services:
   This work will deliver a series of trials of different and effective
   ways to collect waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
   recover critical raw materials from it. The recovery trials will also
   include recovery of gold, silver and PGMs in WEEE.
   The trials will be delivered in four countries: UK, Germany, Italy and
   Turkey.
   A maximum of ten trials is envisaged across the four countries. The
   number of trials in each country and the value of each of the contracts
   will depend on the tenders received. The total project budget for all
   of the trials is indicated below.
   It is expected that around 100  of WEEE will be collected in total
   across all of the trials.
   This project is being delivered through the EU Life 2014 programme.
   Estimated cost excluding VAT: 662 500 EUR
   Lots
   This contract is divided into lots: yes
   II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   II.6)Scheduled date for start of award procedures
   1.5.2016
   II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.8)Additional information:
   It is intended that:
    The estimated date of publication of the Contract Notice will be in
   February 2016.
    The work will be procured using a two-stage restricted procedure.
    Each tenderer will need to demonstrate their ability and methodology
   for undertaking a complete trial, which comprises both the collection
   of WEEE and recovery of the critical raw materials. Tenderers are
   permitted to submit consortium bids.
    Contracts will be issued through 4 separate Lots. All Lots will
   include identical services and deliverables, the distinction being the
   country where the work will be carried out.
    Tenderers can bid to be on 1 or more of the Lots and can be selected
   to deliver on any number of the Lots for which they bid.
    Multiple suppliers may be contracted to each Lot.
    Contracts will run for a 24 month period.
   An e-Tendering system will be used for procuring this work. Tenderers
   will be required to register onto the Delta eSourcing suite
   ([8]www.delta-esourcing.com).
   The Contracting Authority does not commit to awarding any work under
   this project. All values expressed within this PIN and the Contract
   Notice are maximum values and are not intended to represent a guarantee
   of the level of work that may ultimately be awarded to any supplier.
   Information about lots
   Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
   1 Lot title: Collection and recovery trials in the UK
   1)Short description:
   This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
   material recovery in the United Kingdom.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   3)Quantity or scope:
   A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
   number of trials in each Lot/country and the values of each of the
   contracts will depend on the tenders received. The total project budget
   for all of the trials is fixed.
   4)Indication about different date for start of award procedures and/or
   duration of contract
   Scheduled date for
   start of works: 1.6.2016
   completion of works: 1.6.2018
   5)Additional information about lots:
   Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
   2 Lot title: Collection and recovery trials in Germany
   1)Short description:
   This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
   material recovery in Germany.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   3)Quantity or scope:
   A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
   number of trials in each Lot/country and the values of each of the
   contracts will depend on the tenders received. The total project budget
   for all of the trials is fixed.
   4)Indication about different date for start of award procedures and/or
   duration of contract
   Scheduled date for
   start of works: 1.6.2016
   completion of works: 1.6.2018
   5)Additional information about lots:
   Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
   3 Lot title: Collection and recovery trials in Italy
   1)Short description:
   This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
   material recovery in Italy.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   3)Quantity or scope:
   A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
   number of trials in each Lot/country and the values of each of the
   contracts will depend on the tenders received. The total project budget
   for all of the trials is fixed.
   4)Indication about different date for start of award procedures and/or
   duration of contract
   Scheduled date for
   start of works: 1.6.2016
   completion of works: 1.6.2018
   5)Additional information about lots:
   Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
   4 Lot title: Collection and recovery trials in Turkey
   1)Short description:
   This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
   material recovery in Turkey.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
   3)Quantity or scope:
   A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
   number of trials in each Lot/country and the values of each of the
   contracts will depend on the tenders received. The total project budget
   for all of the trials is fixed.
   4)Indication about different date for start of award procedures and/or
   duration of contract
   Scheduled date for
   start of works: 1.6.2016
   completion of works: 1.6.2018
   5)Additional information about lots:
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Information about reserved contracts
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s): This series of trials is
   part of the Critical Raw Materials Closed Loop Recovery project.
   This project is being funded through the EU Life 2014 programme.
   VI.2)Additional information:
   The Critical Raw Materials Closed Loop Recovery project is working to
   ensure that a wider range of minerals and metals are recovered during
   recycling of waste electronic and electrical equipment (WEEE) in
   Europe. The series of collection and recovery trials as part of this
   project will help to inform recommendations for a European policy and
   infrastructure plan.
   The trials part of the project is being delivered by a consortium of
   three organisations:
    Waste and Resources Action Programme (WRAP, [9]www.wrap.org.uk) is a
   UK registered charity and not for profit company. It's vision is a
   world where resources are used sustainably. It works with businesses,
   individuals and communities to help them reap the benefits of reducing
   waste, developing sustainable products and using resources in an
   efficient way.
    European Recycling Platform (ERP, [10]www.erp-recycling.co.uk) has
   the mission to develop high-quality, cost-effective recycling services
   for the benefit of producer members, consumers and ultimately the
   environment and society.
    European Advanced Recycling Network (EARN, [11]www.earn-service.com)
   provides its customers with all services related to compliance with the
   WEEE Directive throughout Europe, centrally coordinated by a single
   source.
   WRAP will be the Contracting Authority for the trials and will manage
   the contracts of the UK trials. ERP and EARN will manage the contracts
   of the trials in Germany, Italy and Turkey.
   Further information about the project can be found at
   [12]www.criticalrawmaterialrecovery.eu
   Organisations which are interested in tendering to deliver these trials
   are strongly recommended to visit the project website, and to remain in
   contact for updates through the various communication methods offered.
   To view this notice, please click here:
   [13]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=1773
   24822
   GO Reference: GO-2016111-PRO-7560791.
   VI.3)Information on general regulatory framework
   VI.4)Date of dispatch of this notice:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Lieferung von Konferenzstühlen - DE-Leverkusen
Möbel für Konferenzräume
Stühle
Dokument Nr...: 832373-2016 (ID: 2016010511241339585)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
  226-2015, Lieferung von Konferenzstühlen für zwei städtische Gymnasien:
Landrat-Lucas-Gymnasium und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Stadt Leverkusen
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
1 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
Bekanntmachung
Aktenzeichen:
Vergabe-Nr.: 226-2015
Bezeichnung des Verfahrens: 226-2015, Lieferung von
Konferenzstühlen für zwei städtische
Gymnasien: Landrat-Lucas-Gymnasium
und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium,
Stadt Leverkusen
1. Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung gemäß  3 Abs. 1 VOL/A
2. Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle
Bezeichnung
Stadt Leverkusen - Zentrale Vergabestelle
Postanschrift
Moskauer Str. 4a, 51373 Leverkusen
Telefon-Nummer 0214/406-0
Telefax-Nummer 0214/406-5532
E-Mail-Adresse zentrale.vergabestelle@stadt.leverkusen.de
URL www.leverkusen.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
3. Bezeichnung der den Zuschlag erteilenden Stelle
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Stadt Leverkusen - Fachbereich Schulen (40)
Postanschrift
Goetheplatz 1-4, 51379 Leverkusen
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
4. Bezeichnung der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Postanschrift
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Vergabemarktplatz NRW
5. Form der Angebote
Postalischer Versand, Elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, Elektronisch mit qualifizierter elektronischer
Signatur
Die Abgabe digitaler Angebote unter www.evergabe.nrw.de unter Beachtung der dort genannten
Nutzungsbedingungen ist zugelassen.
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
2 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
6. Art und Umfang der Leistung sowie Ort der Leistungserbringung
Die Stadt Leverkusen vergibt im Wege einer öffentlichen Ausschreibung die Lieferung von Konferenzstühlen für
das Lehrerzimmer und einen Besprechungsraum des Landrat-Lucas-Gymnasium sowie für das Lehrerzimmer
des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Leverkusen.
Hauptleistungsort:
Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Str. 7, 51379 Leverkusen
Weitere(r) Leistungsort(e):
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Str. 77, 51375 Leverkusen
7. ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose
Eine Aufteilung in Lose ist nicht beabsichtigt.
8. g g f . Z u l a s s u n g v o n N e b e n a n g e b o t e n
Nebenangebote werden nicht zugelassen.
9. etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist
Beginn: Schnellstmöglich in Absprache mit der jeweiligen Schulleitung
Ende: Spätestens April 2016
10. Bezeichung der Stelle, die die Vergabeunterlagen und die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
abgibt
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Postanschrift
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Vergabemarktplatz NRW
Zu den unter www.evergabe.nrw.de genannten Nutzungsbedingungen können die Vergabeunterlagen
kostenlos heruntergeladen und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen werden.
11. Schlusstermin für die Anforderung von Vergabeunterlagen oder Einsicht in die Vergabeunterlagen
21.01.2016 10:00 Uhr
12. Ablauf der Angebotsfrist
21.01.2016 10:00 Uhr
13. Ablauf der Bindefrist
19.02.2016 23:59 Uhr
14. Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und Zahlungsweise
Eine Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform wird nicht angeboten
15. Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen
Keine; siehe Besondere Vertragsbedingungen
16. Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind
Sofern in der Vergabeunterlagen nichts Anderweitiges bestimmt ist, gelten die Regelungen des  17 VOL/B.
17. Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen zur Beurteilung der Eignung
Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers:
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Unterschriebenes Formblatt "Angebot nach VOL"
- Ausgefüllte Seite 4 der Leistungsbeschreibung
- Ausgefülltes und mit Preisen versehenes Leistungsverzeichnis
- Formblatt "Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit"
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Nachweis der Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
3 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
- Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung in Steuersachen,
- Nachweis einer Haftpflichtversicherung,
- Freistellungsbescheinigung gem.  48 EStG,
- Bankauskünfte oder Bankerklärungen,
- Bilanzauszüge, Umsatznachweise,
- Bescheinigung über erfüllte Beitragspflichten zur Sozialversicherung,
Unterlagen, die der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern
diese Unterlagen frei abrufbar
sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an.
Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Farbiges Prospektmaterial über die angebotenen Stühle (alle im Leistungsverzeichnis geforderten Angaben
müssen zwecks Beurteilung der Gleichwertigkeit aus dem Prospektmaterial hervorgehen)
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Referenzliste über die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ausgeführten Leistungen, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Aufstellung über die dem Bieter für die Ausführung
der Leistung zur Verfügung stehende technische und
personelle Ausstattung
- Erklärung über Bietergemeinschaften (sofern beabsichtigt)
- Verzeichnis über Art und Umfang der von Nachunternehmen auszuführenden Leistungen (sofern beabsichtigt)
- Nachweis der Stohlstoffbelastbarkeit über mindestens 60.000 Scheuertouren (Martindale)
- Farbkarte für die angebotene Stuhlbezugsstoffgruppe (Vorlage mit Muster-Stuhl)
- Jeweils ein Musterstuhl für Pos. 1 und Pos. 2 des Leistungsverzeichnisses
Sonstiger Nachweis
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Unterschriebene Verpflichtungserklärung nach  18 TVgG-NRW zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen
- Unterschriebene Verpflichtungserklärung nach  19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und Förderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
18. Mit dem Angebot vorzulegende Eigenerklärungen zur Auftragsdurchführung
19. Angabe der Zuschlagskriterien
Wertungsmethode: Wirtschaftlich günstigstes Angebot gemäß der im Anschreiben oder den Vergabeunterlagen
angegebenen Kriterien.
20. Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten
Sofern das Angebot einer anerkannten Werkstätte für behinderte Menschen oder einer anerkannten
Blindenwerkstätte oder diesen Einrichtungen vergleichbare Einrichtungen (nachfolgend bevorzugte Bieter)
ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines insofern nicht bevorzugten Bieters ist,
so wird dem bevorzugten Bieter der Zuschlag erteilt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote
wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 von Hundert berücksichtigt.
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der angebotenen Lieferungen
zu einem wesentlichen Teil durch die bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Wertschöpfung durch ihre Beschäftigten mehr als 10 % des Nettowerts der zugekauften Waren beträgt.
21. Sonstiges
Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter https://www.vmp-rheinland.de kostenfrei zum Herunterladen zur
Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht möglich.
Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um die Neuausschreibung der nicht vergebenen Vergabe-Nr.
138-2015!
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
4 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1Y5Q3
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2016/01/10201.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei - DE-Bamberg
Beschaffungsberatung
Dokument Nr...: 832473-2016 (ID: 2016011207465145048)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei
a) die Bezeichnung und die Anschrift
	
der ausschreibenden Stelle
Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei
Pödeldorferstraße 77/79
96052  Bamberg 	
Telefon 	0951/9331-860
Telefax 	0951/9331-539
E-Mail 	arbeitsgruppe.lzb@polizei.bayern.de
b) die Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
c) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:
Die digitale Abgabe eines Angebotes wird nicht unterstützt. Bitte geben Sie Ihr Angebot/Teilnahmeantrag in konventioneller
Papierform ab.
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung:
Aktenzeichen 	EA-1781-0135/1
Kurzbeschreibung 	universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei
ausf. Beschreibung 	Unterlagenanforderung unter
http://www.polizei.bayern.de/news/ausschreibung/aktuell/dienstleistungen/index.html
Der Auftraggeber vergibt eine Rahmenvereinbarung mit einer universitären Einrichtung über zwei Berater zur
wirtschaftswissenschaftlichen Mitwirkung bei der Erarbeitung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen verschiedener Modelle für
ein mögliches Logistikzentrum Bayern der Bayerischen Polizei und Justiz einschließlich einer abschließenden Expertise des
Lehrstuhlinhabers für politische Entscheidungsträger. Die geforderten Leistungskriterien und Rahmenbedingungen der Mitwirkung
ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Erteilung des Zuschlags und endet am 31.12.2016 (eine optionale Verlängerung um bis zu 6
Monate ist möglich).
Ort der Leistung: 	96052  Ausführung teilweise in Bamberg, teilweise am Sitz des Auftragnehmers
g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
CPV-Code 	Bezeichnung
79418000-7 	Beschaffungsberatung
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/xvergabe/2016/01/vmshh001_134313.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen - DE-Gießen
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 832573-2016 (ID: 2016011810591854159)
Veröffentlicht: 18.01.2016
*
  BAB A 45, Ersatzneubau der UEF HHW bei Asslar, km 161,79,
Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen
Aktenzeichen: 9j4c-2016-00013-BA44
1.		Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Straße:Schillerstraße 8
Stadt/Ort:36043 Fulda
Land:Deutschland
Zu Hdn. von :Frau Glatter
Telefon:+49 661/49953 214
Fax:+49 661 49953 103
E-Mail:heike.glatter@mobil.hessen.de
digitale Adresse(URL): http://www.mobil.hessen.de
2.		Art der Leistung : Dienstleistung
3.		Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BAB A 45, Ersatzneubau der UEF HHW bei Asslar, km 161,79,
Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen
4.		Form des Verfahrens: formloses Bewerbungsverfahren vor freihändiger Vergabe
5.		Frist, bis zu der die Interessenbekundung eingegangen sein muss:
		Bewerbungsfrist: 27.01.2016 10:30 Uhr
6.		Leistungsbeschreibung
		Art und Umfang des Auftragsgegenstandes :
Aufgrund des geplanten Ausbaus der BAB A 45 wird es erforderlich, das Bauwerk UEF HWW bei Asslar, km 161,79 zu ersetzen. Das
Bauwerk liegt im Zuge der BAB A 45, zwischen den Anschlussstellen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost, nördlich der Stadt Wetzlar
in Hessen.
Bestandsbauwerk:
Die im Jahre 1970 errichtete Brücke überführt einen Wirtschaftsweg über die A 45.
Einstegiger-, Spannbetonplattenbalken, 6,50 m Breite z.d.G., 4-Feldbauwerk, Gesamtlänge = 103 m, Lichte Höhe ca. 15,06 m,
Pfahlgründung, Zustandsnote 3,0, Kreuzungswinkel 100 gon, Brückenklasse DIN 30, Brückenfläche 670 m2.
Ersatzneubau:
Stahlverbundbauwerk gemäß Gestaltungskonzept, Variante B, "Mehrfeldbauwerk mit größeren lichten Höhen". Der geplante
Verbundüberbau ist eine integrale oder semintegrale Hybridkonstruktion und setzt sich dabei aus Stahlträgern sowie einer
biegesteif angeschlossenen Fahrbahnplatte (Betonfertigteile mit Ortbetonergänzung) zusammen. Die Schrägstile werden aus
Stahlbeton hergestellt.
Linienführung des überführten Verkehrsweges entweder weitestgehend analog der vorhandenen Trassierung oder Lage des neuen
Bauwerks unmittelbar neben der vorhandenen Achse, jedoch auf geänderter Höhenlage. Abmessungen ähnlich Bestandsbauwerk.
Mit fertiggestellter Vorskizze erfolgt durch den AG die Durchführung von Erkundungsbohrungen sowie die Erstellung des
Baugrundgutachtens (hierfür ist eine Zeitdauer von ca. 5-6 Monate einzurechnen). Das fertiggestellte Baugrundgutachten ist
Voraussetzung für den Beginn der Neubauentwurfsplanung.
Für das Bauwerk werden Ingenieurleistungen der Objektplanung und Tragwerksplanung der LP 1 bis 5 nach HOAI für
Ingenieurbauwerke abgerufen. Sowie im geringen Umfang Besondere Leistungen.
Leistungsumfang
Für das o.g. Vorhaben einschl. der erforderlichen Verbauten sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:
1. Leistungen nach HOAI:
Ersatzneubau
- Objektplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 1 bis 5
- Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 bis 5
Baubehelfe / Verbauten
- Objektplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 und 3
- Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 und 3
2. Besondere Leistungen:
1. Bauzeitenkonzept und Baulogistik
2. Abbruchkonzept- und Planung
3. Für den Bauwerksentwurf ist ein Langtext - Preis - Verzeichnis zu erstellen.
Die besonderen Leistungen werden analog HOAI frei vereinbart.
		
		Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
		Hauptgegenstand:
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Ergänzende Gegenstände:
		
		Ort der Ausführung / Erbringung der Leistung :
NUTS-Code : DE721 Gießen, Landkreis
		
		Zeitraum der Ausführung :
		Beginn der Ausführung:
spätestens 6 Werktage nach Auftragsvergabe
Übergabe der Vorskizze:
spätestens 8 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Übergabe der fertigen Entwurfsplanung
40 Kalenderwochen nach Bearbeitungsbeginn bzw. 16 Wochen nach Übergabe Baugrundgutachten
Die Festlegung der übrigen Termine, insbesondere Zwischentermine und deren Fristen erfolgt in der Leistungsbeschreibung.
Die Fristen für Zwischentermine und zur Fertigstellung werden mit Vertragsstrafen belegt.
		
7.		Bewerbungsbedingungen: Die nachfolgend genannten Angaben, Erklärungen und Nachweise sind zur Prüfung der
Fachkunde und Zuverlässigkeit erforderlich:
a.) Firmenkurzprofil mit Angaben zum Leistungsspektrum
b.) Vorlage von maximal 3 vergleichbaren Referenzprojekten, die innerhalb der letzten 3 Jahre bearbeitet wurden.
c.) Erklärungen über den Gesamtumsatz und den Umsatz mit entsprechenden Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung
sind.
d.) Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung, gefordert werden folgende Deckungssummen: 1,5 Mio.  für
Personenschäden und 1,0 Mio.  für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden). Es ist der Nachweis zu erbringen, dass
die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der vorgenannten Deckungssummen beträgt. Als Beleg hierfür ist
eine Bestätigung der Versicherung (z.B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Teilnahmeantrag beizufügen. Bei
Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen,
dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird.
Bei Bewerbergemeinschaften sind diese Nachweise für jedes Mitglied getrennt zu erbringen.
e.) Erklärung, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.
- wirksames Berufsverbot ( 70 StGB),
- wirksames vorläufiges Berufsverbot ( 132a STPO),
- wirksame Gewerbeuntersagung ( 35 GewO),
- rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen:
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ( 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung ( 334 StGB), Vorteilsgewährung
( 333 StGB), Diebstahl ( 242 StGB),Unterschlagung ( 246 StGB), Erpressung ( 253 StGB), Betrug ( 263 StGB), Subventionsbetrug (
264 StGB), Kreditbetrug ( 265b StGB), Untreue ( 266 StGB), Urkundenfälschung ( 267 StGB), Fälschung technischer
Aufzeichnungen ( 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren ( 283 ff. StGB), Wettbewerbsbeschränkende
Absprachen bei Ausschreibungen ( 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr ( 299 StGB), Brandstiftung ( 306 StGB),
Baugefährdung ( 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung ( 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen
Abfällen ( 326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet
wurde.
f.) Erklärung, dass gegen mich/uns kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet
oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzplan rechtskräftig
bestätigt wurde.
g.) Erklärung, dass sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
h.) Erklärung, dass ich/wir die Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben erfüllt haben.
i.) Angaben über die Auftragsteile, für die eine Unterauftragsvergabe beabsichtigt ist.
j.) Der Bewerber sowie die anderen Unternehmen (Nachunternehmer) und Verleihunternehmen, soweit diese bereits bei Abgabe des
Teilnahmeantrages bekannt sind, haben sich mit dem Teilnahmeantrag zur Einhaltung der Tariftreue und Mindestentgelt zu
erklären. Der Auftragnehmer hat nach Zuschlagserteilung die von ihm vorgesehenen anderen Unternehmen und Verleihunternehmen
ebenfalls zur Einhaltung der Tariftreue und Mindestentgelt zu verpflichten. Die jeweilige Verpflichtungserklärung ist dem
Auftraggeber spätestens vor Beginn der Leistung der anderen Unternehmen und Verleihunternehmen vorzulegen.
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der
Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern ( 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Bei Einsatz von anderen Unternehmern (Nachunternehmer) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese
abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen
Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern ( 13
Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Falls der Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, behält sich der AG vor folgende Unterlagen zu fordern (gilt auch für die
Nachunternehmer):
- Je eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers zu den benannten Referenzen, dass die Leistungen auftragsgemäß erbracht
wurden.
- Bezüglich des Gesamtumsatzes eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder ein entsprechend
testierter Jahresabschluss oder eine entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnung.
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen und eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft / des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.
Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Kriterium A:
Firmenprofil der sich bewerbenden Organisationseinheit.
Das Kriterium A wird mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.
- 5 Punkte: bestmögliche Übereinstimmung
- 0 Punkte: keine Übereinstimmung
Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:
Übereinstimmung des Firmenprofils hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung.
Kriterium B:
Erbrachte Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen, die in den letzten 3 Jahren von der sich bewerbenden
Organisationseinheit hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen erbracht wurden. Zur Bewertung werden die
Referenzprojekte herangezogen, die vom Bewerber zu benennen sind.
Das Kriterium B wird mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.
Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:
- Anzahl der wertbaren Referenzprojekte
und insbesondere
- Übereinstimmung der wertbaren Referenzobjekte hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung.
Geforderte Eignungsnachweise (gem.  6 Abs. 3, 4 VOL/A,  13 Abs. 1, 2 HVTG), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise
(u.a.HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
8.		Zuschlagskriterien
Preis
9.		Beschränkung der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Teilnahme aufgefordert werden sollen:
mindestens (soweit geeignet) :3 / ,höchstens 5
Anzahl gesetzte Bieter 0
10.		Auskünfte erteilt: Offizielle Bezeichnung:Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Straße:Schillerstraße 8
Stadt/Ort:36043 Fulda
Land:Deutschland
Zu Hdn. von :Herr Thomas Hendler
Telefon:+49 661/49953 182
Fax:+49 661 49953 103
E-Mail:thomas.hendler@mobil.hessen.de
digitale Adresse(URL): http://www.mobil.hessen.de
11.		Bewerbungsunterlagen sind anzufordern bei: Offizielle Bezeichnung:Es werden nur die unter Punkt 12 genannten
Unterlagen digital zur Verfügung gestellt.
12.		Sonstige Angaben: Das Verfahren unterliegt weder dem gesetzlichen Vergaberechtsverfahren noch den
gemeinschaftlichen Vergaberichtlinien. Die allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der
Transparenz werden gewahrt.
Ein Anspruch auf Aufforderung zur Angebotsabgabe besteht auf Grund der Interessenbekundung nicht.
Interessierte, die innerhalb von 8 Wochen nach der Abgabefrist keine Aufforderung zur Angebotsabgabe erhalten haben, wurden
nicht berücksichtigt. Eine gesonderte Information der Vergabestelle, dass die Interessenbekundung nicht angenommen wurde,
ergeht nicht an die Interessierten.
Der Auftraggeber stellt für die Teilnahme an dem Interessenbekungsverfahren den Bewerbern kostenfrei folgende Unterlagen zur
Verfügung:
- Vordruck Teilnahmeantrag Interessenbekundungsverfahren
- Vordruck Eigenerklärung Eignung
- Vordruck Erklärung Bewerbergemeinschaft
- Vordruck Verzeichnis Nachunternehmerleistungen
- Vordruck HE - Verpflichtungserklärung Tariftreue (03/15)
Die Vordrucke sind der Bekanntmachung in digitaler Form angehängt.
Weitere Unterlagen stellt der Auftraggeber nicht zur Verfügung.
Falls Sie bereit sind, an dem Interessenbekundungsverfahren teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem
verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt 5 genannten Termin an die unter Punkt 1 genannte Adresse einzusenden oder dort
abzugeben.
Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "" zu versehen.
Es gelten die nachstehenden Bewerbungsbedingungen:
1. Die Bewerbung ist in deutscher Sprache abzufassen. Anträge in anderer Sprache werden ausgeschlossen.
2. Es sind ausschließlich die von der Vergabestllen vorgegebenen Vordrucke zu verwenden und einzureichen. Die Vordrucke sind
an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Nicht unterschriebene Bewerbungen werden
ausgeschlossen.
3. Eine nicht fristgerecht eingereichte Bewerbung wird ausgeschlossen.
4. Eine Bewerbung, die die Mindeststandards nicht erfüllen, wird ausgeschlossen.
5. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung gemäß dem Vordruck
Erklärung Bewerbergemeinschaft abzugeben,
- in der die Bildung einer Bietergemeinschaft im Fall der Angebotsbearbeitung erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Vergabestelle rechtsverbindlich vertritt,
6. Ein Wechsel der Identität des Bewerbers oder der Bewerbergemeinschaft ist nicht zugelassen.
7. Beabsichtigt der Bewerber, wesentliche Teile der Leistung von Nachunternehmer ausführen zu lassen, muss er in seiner
Bewerbung die durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben.
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2016/01/000269011499.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Katholikentag - Mietweise Gestellung von Bauzäunen und Absperrungen - DE-Leipzig
Event-Organisation
Dokument Nr...: 832773-2016 (ID: 2016012111302059483)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
  Katholikentag - Mietweise Gestellung von Bauzäunen und Absperrungen
1
Vollständige Bekanntmachung
100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V.
Öffentliche Ausschreibung
Mietweise Gestellung von Bauzäunen/Absperrungen vom 21. Mai bis zum 30. Mai 2016
a) Vergabestelle/Auftraggeber
100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V.
Nikolaistraße 27-29, 04109 Leipzig
Postfach 100410, 04004 Leipzig
b) Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A
c) Form in der die Angebote einzureichen sind
Wird in den Vergabeunterlagen beschrieben.
d) Art und Umfang der Leistung, Ort der Leistungserbringung
Der Deutsche Katholikentag ist eine fünftägige Großveranstaltung, die alle zwei Jahre in einer anderen Großstadt oder
Region stattfindet. Für die Umsetzung des 100. Deutschen Katholikentags in Leipzig werden Bauzäune und Absperrungen an
diversen Plätzen im Stadtgebiet Leipzig benötigt.
Art und Umfang gemäß Leistungsbeschreibung.
e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose
Es erfolgt keine Aufteilung in Lose.
f) Nebenangebote
sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist
Durchführungs- / Veranstaltungszeitraum: 21. Mai bis 30. Mai 2016
Auf- und Abbauzeiten: Sind Bestandteil der Vertragsbedingungen
h) Bezeichnung der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können
100. Deutscher Katholikentag Leipzig e.V.
Bereich Planung und Technik
Debora Schleicher
E-Mail: ausschreibung@katholikentag.de
i) Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: Mittwoch, 24. Februar 2016, 16:00 Uhr
Bindefrist: Die Bieter sind bis zum 23. März 2016 an ihr Angebot gebunden.
j) Höhe der geforderten Sicherheitsleistungen
2
Keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
l) Geforderte Angaben zur Beurteilung der Eignung des Bieters
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
m) Zuschlagskriterien
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
n) Sonstige Angaben
Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ausschließlich digital per E-Mail.
Die Ausschreibungsunterlagen werden ab dem 25.01.2016 verschickt.
Mit der Abgabe des Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote gemäß  19 VOL/A.
Es gilt deutsches Recht. Die gesamte Korrespondenz ist in deutscher Sprache abzufassen.
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/100-Deutscher-Katholikentag-Leipzig-2016-e-V/2016/01/1426454.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und Orientierungsarbeiten Jgst. 2 - DE-Bayern
Druckschriften
Postversand
Dokument Nr...: 832973-2016 (ID: 2016012516193263603)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
  Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und
Orientierungsarbeiten Jgst. 2 im Schuljahr 2015/2016
a) die Bezeichnung und die Anschrift
	
der ausschreibenden Stelle
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Salvatorstraße 2
80333  München 	
Telefon 	08921862129
Telefax 	
E-Mail 	vergabestelle@stmbw.bayern.de
b) die Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
c) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:
Die digitale Abgabe eines Angebotes wird nicht unterstützt. Bitte geben Sie Ihr Angebot/Teilnahmeantrag in konventioneller
Papierform ab.
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung:
Aktenzeichen 	II.1  BS 4200.4.2-6a.165670
Kurzbeschreibung 	Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und Orientierungsarbeiten Jgst. 2 im Schuljahr 2015/2016
ausf. Beschreibung 	Die kompletten Vergabeunterlagen stehen kostenfrei zum Download unter
http://www.km.bayern.de/ministerium/recht/vergabe.html zur Verfügung.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Testhefte (VERA-3) und Testblätter (Orientierungsarbeiten) zu drucken, zu verpacken
und diese an insgesamt ca. 2.300 Adressaten mit etwa 5.100 (VERA-3) bzw. 5.530 Klassen (Orientierungsarbeiten) zu übermitteln.
Druck, Verpackung und Versand haben so zu erfolgen, dass der Eingang bei den Adressaten am 12.04.2016 oder 13.04.2016
sichergestellt ist.Die 3 Testhefte für die Vergleichsarbeiten VERA-3 sind in einer voraussichtlichen Auflagenhöhe von
insgesamt 390.000 Stück zu drucken. Die Tests für die Orientierungsarbeiten (1 Blatt, Vorder- und Rückseite bedruckt) sind
in einer voraussichtlichen Auflagenhöhe von 138.300 Stück zu drucken.
Ort der Leistung: 	bayernweit
g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 	13.04.2016
Erläuterungen 	Druck, Verpackung und Versand haben so zu erfolgen, dass der Eingang bei den Adressaten am 12.04.2016 oder
13.04.2016 sichergestellt ist
CPV-Code 	Bezeichnung
22160000-9 	Druckschriften
79571000-7 	Postversand
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/xvergabe/2016/01/vmshh001_135332.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung - FR-Évreux
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
Dokument Nr...: 8373-2016 (ID: 2016011212571445981)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FR-Évreux: Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
   2016/S 7/2016 8373
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Grand Évreux Agglomération
   Service commande publique, 9 rue Voltaire, CS 40423
   Kontaktstelle(n): Service commande publique
   27004 Évreux Cedex
   FRANKREICH
   Weitere Auskünfte erteilen: Grand Évreux Agglomération
   Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   Zu Händen von: Service commande par télécopie au +33 232319295
   27004 Évreux Cedex
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Grand Évreux Agglomération
   service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   27004 Évreux Cedex
   Internet-Adresse: [4]https://marchespublics.cg27.fr
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Grand Évreux
   Agglomération
   Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   27004 Évreux Cedex
   Internet-Adresse: [5]https://marchespublics.cg27.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   79420000 - DA28
   Beschreibung
   Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 16:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Französisch.
References
   4. https://marchespublics.cg27.fr/
   5. https://marchespublics.cg27.fr/
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
   France-Évreux: Services relatifs à la gestion
   2016/S 007-008373
   Avis de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Grand Évreux Agglomération
   Service commande publique, 9 rue Voltaire, CS 40423
   Point(s) de contact: Service commande publique
   27004 Évreux Cedex
   FRANCE
   Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
   être obtenues: Grand Évreux Agglomération
   Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   À l'attention de: Service commande par télécopie au +33 232319295
   27004 Évreux Cedex
   Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
   complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
   compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
   obtenus: Grand Évreux Agglomération
   service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   27004 Évreux Cedex
   Adresse internet: [6]https://marchespublics.cg27.fr
   Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
   envoyées: Grand Évreux Agglomération
   Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
   27004 Évreux Cedex
   Adresse internet: [7]https://marchespublics.cg27.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.3)Activité principale
   Autre: Établissement public de coopération intercommunal
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 11: Services de conseil en gestion [6] et
   services connexes
   Code NUTS FR
   II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
   d'acquisition dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Information sur laccord-cadre
   Accord-cadre avec un seul opérateur
   Durée de laccord-cadre
   Durée en mois: 60
   Justification dun accord-cadre dont la durée dépasse quatre ans: Cette
   exception de durée de marché s'explique du fait de l'objet du présent
   marché. en effet, le code de la construction et de l'habitation, en son
   article L615-2, prévoit que le plan de sauvegarde est conclu pour une
   durée de 5 ans ferme.
   Estimation de la valeur totale des acquisitions pour lensemble de la
   durée de laccord-cadre
   Valeur estimée hors TVA: 445 000 EUR
   II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Suivi animation du plan de sauvegarde des copropriétés privées Aubépine
   et Acacia sur le territoire du GEA.
   II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   79420000 - DA28
   II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.1.8)Lots
   Division en lots: non
   II.1.9)Variantes
   Des variantes seront prises en considération: non
   II.2)Quantité ou étendue du marché
   II.2.1)Quantité ou étendue globale:
   Marché unique à bons de commande sans mini et maxi et un opérateur
   économique.montant estimatif 445 000 EUR (HT). Le marché est conclu
   pour une période de 5 ans à compter de la notification du contrat.
   II.2.2)Information sur les options
   Options: oui
   description de ces options: Des prestations similaires pourront être
   réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes
   (art. 35-ii.6° du CMP).
   II.2.3)Reconduction
   II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
   Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
   technique
   III.1)Conditions relatives au contrat
   III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
   Garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.
   III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
   références aux textes qui les réglementent:
   Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
   Caractéristiques des prix: Prix unitaires. Modalités de variation des
   prix: Révision mensuelle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les
   conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: via
   un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de
   paiement est de 30 jours. Modalités de financements: Ressources propres
   et subventions en cours de demande (Anah).
   III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
   économiques attributaire du marché:
   Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux
   candidats de présenter plusieurs offres en tant que mandataire de
   plusieurs groupement.
   III.1.4)Autres conditions particulières
   L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
   III.2)Conditions de participation
   III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
   exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
   profession
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
   en redressement judiciaire; Le candidat produit un extrait K-BIS et si
   nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager
   juridiquement; Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui
   de la candidature, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces
   opérateurs économiques pour l'exécution du marché.
   III.2.2)Capacité économique et financière
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au
   cours des trois derniers exercices disponibles.
   III.2.3)Capacité technique
   Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
   sont remplies:
   Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières
   années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
   privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
   du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
   économique; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
   candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
   trois dernières années, (sous forme de tableau par année avec
   l'effectif total et le nombre de cadres).
   III.2.4)Informations sur les marchés réservés
   III.3)Conditions propres aux marchés de services
   III.3.1)Information relative à la profession
   La prestation est réservée à une profession particulière : non
   III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
   Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
   professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
   soumissionner ou à participer
   IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
   dialogue
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants des critères énoncés ci-dessous
   1. Valeur technique. Pondération 60
   2. Valeur technique: Compétence et expérience de l'équipe affectée à la
   réalisation de la prestation. Pondération 20
   3. Valeur technique: Méthodologie du candidat pour réaliser sa mission
   (respect du plande sauvegarde et éléments complémentaires). Pondération
   10
   4. Valeur technique: Organisation de travail des membres de l'équipe et
   vis à vis du GEA. Pondération 10
   5. Valeur technique: Stratégie de communication prévue selon les
   attentes de la convention de plan. Pondération 10
   6. Valeur technique: Décomposition des temps passés par catégorie
   d'intervenant et par prestation (chronogramme pluriannuel prenant en
   compte les contraintes inhérentes à la prestation). Pondération 10
   7. Prix des prestations. Pondération 40
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique sera effectuée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur:
   151300
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   non
   IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
   complémentaires ou du document descriptif
   Documents payants: non
   IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
   participation
   22.2.2016 - 16:00
   IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
   candidats sélectionnés
   IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
   participation
   français.
   IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
   maintenir son offre
   en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
   IV.3.8)Modalités douverture des offres
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Renouvellement
   Il s'agit d'un marché renouvelable: non
   VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.3)Informations complémentaires
   Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de
   candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur
   candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
   [8]www.economie.gouv.fr Les offres peuvent être transmises par lettre
   recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
   Dématérialisation des procédures: L'organisme acheteur préconise la
   transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis
   adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la
   confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence
   sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
   niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique
   est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat
   conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste
   de confiance française ([9]http://references.modernisation.gouv.fr) ou
   sur une liste de confiance d'un autre état-membre de l'union
   européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le
   certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations
   minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous
   les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout
   document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de
   sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux
   candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les
   documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après
   l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature
   manuscrite.
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif de Rouen
   53 avenue Gustave Flaubert
   76000 Rouen
   E-mail: [10]greffe.ta-rouen@juradm.fr
   Téléphone: +33 232081270
   Fax: +33 232081271
   VI.4.2)Introduction des recours
   Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Référé
   précontractuel introduit du début de la procédure jusqu'à la signature
   du marché (article L551-1 à L551-6 du code de justice administrative).
   Référé contractuel introduit de l'avis de publication au JOUE jusqu'au
   31ème jour suivant (article R551-7 du code de justice administrative)
   Recours gracieux ou recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter
   de la notification de la décision de rejet (article R 421-2 du code de
   Justice administrative) Recours de plein contentieux à l'encontre du
   marché: 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
   concernant son attribution, pouvant être assorti d'une demande de
   suspension de l'exécution du marché (article l 521-1 du code de Justice
   administrative).
   VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen - PT-Lissabon
Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
Dokument Nr...: 8473-2016 (ID: 2016011212580346080)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  PT-Lissabon: Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
   2016/S 7/2016 8473
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
   1649-035 Lisboa
   PORTUGAL
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   50421000
   Beschreibung
   Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 97 620 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Maquet, Lda
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 97 620 EUR
   ohne MwSt
References
OT: 12/01/2016    S7    - - Serviços - Anúncio de adjudicação - Processo
   por negociação mediante procedimento acelerado
   Portugal-Lisboa: Serviços de reparação e manutenção de equipamento
   médico
   2016/S 007-008473
   Anúncio de adjudicação de contrato
   Serviços
   Directiva 2004/18/CE
   Secção I: Autoridade adjudicante
   I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
   Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
   1649-035 Lisboa
   PORTUGAL
   I.2)Tipo de autoridade adjudicante
   Organismo de direito público
   I.3)Actividade principal
   Saúde
   I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
   adjudicantes
   A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
   outras autoridades adjudicantes: não
   Secção II: Objecto do contrato
   II.1)Descrição
   II.1.1)Título atribuído ao contrato
   Ajuste direto n.º 169G000008.
   II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
   prestação dos serviços
   Serviços
   Código NUTS
   II.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição
   Dinâmico (SAD)
   II.1.4)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
   Aquisição de serviços de manutenção aos equipamentos de ventilação
   pulmunar.
   II.1.5)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
   50421000
   II.1.6)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
   II.2)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
   II.2.1)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
   Valor: 97 620 EUR
   Sem IVA
   Secção IV: Procedimento
   IV.1)Tipo de procedimento
   IV.1.1)Tipo de procedimento
   Procedimento por negociação acelerado
   IV.2)Critérios de adjudicação
   IV.2.1)Critérios de adjudicação
   IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
   IV.3)Informação administrativa
   IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
   adjudicante
   IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
   Secção V: Adjudicação do contrato
   V.1)Data da decisão de adjudicação do contrato:
   22.12.2015
   V.2)Informação sobre as propostas
   V.3)Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de
   adjudicação do contrato
   Maquet, Lda
   V.4)Informação sobre o valor do contrato
   Valor total definitivo do contrato:
   Valor: 97 620 EUR
   Sem IVA
   V.5)Informação acerca da subcontratação
   Secção VI: Informação complementar
   VI.1)Informação sobre os fundos da União Europeia
   VI.2)Informação complementar:
   VI.3)Procedimentos de recurso
   VI.3.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
   VI.3.2)Interposição de recursos
   VI.3.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
   interposição de recursos
   VI.4)Data de envio do presente anúncio:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Unfall- und Krankenversicherungen - FR-Nanterre
Unfall- und Krankenversicherungen
Dokument Nr...: 8573-2016 (ID: 2016011212590546173)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FR-Nanterre: Unfall- und Krankenversicherungen
   2016/S 7/2016 8573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Ville de Nanterre
   Service des marchés, 88/118 rue du 8 mai 1945, BP 1406
   Kontaktstelle(n): Service des marchés
   Zu Händen von: Mme Hébert
   92014 Nanterre Cedex
   FRANKREICH
   Telefon: +33 147295244
   E-Mail: [4]marches.publics@mairie-nanterre.fr
   Fax: +33 147295399
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.nanterre.fr
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
   [8]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66512000
   Beschreibung
   Unfall- und Krankenversicherungen.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 170/2015 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Axa France Vie (candidature présentée en groupement avec OCAD SAS et
   Gras Savoye)
   313 terrasses de l'Arche
   92727 Nanterre
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: sans suite Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   lot déclaré sans suite
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Auftrags-Nr: sans suite Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   lot déclaré sans suite
   FRANKREICH
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:marches.publics@mairie-nanterre.fr?subject=TED
   5. http://www.nanterre.fr/
   6. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   7. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   8. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Nanterre: Services d'assurances accidents et maladie
   2016/S 007-008573
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Ville de Nanterre
   Service des marchés, 88/118 rue du 8 mai 1945, BP 1406
   Point(s) de contact: Service des marchés
   À l'attention de: Mme Hébert
   92014 Nanterre Cedex
   FRANCE
   Téléphone: +33 147295244
   E-mail: [6]marches.publics@mairie-nanterre.fr
   Fax: +33 147295399
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.nanterre.fr
   Adresse du profil dacheteur:
   [8]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   Accès électronique à l'information:
   [9]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   Soumission des offres et des demandes de participation par voie
   électronique: [10]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autorité régionale ou locale
   I.3)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
   adjudicateurs: oui
   Centre communal d'action sociale de Nanterre
   88 rue deu 8 Mai 1945
   92000 Nanterre
   FRANCE
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   Marchés de services d'assurance.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 6a:
   Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
   de prestation des services: Ville de Nanterre  centre communal
   d'action sociale de Nanterre, 92000 Nanterre.
   Code NUTS FR105
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Marchés de service d'assurance. La présente procédure est organisée en
   groupement de commande, constitué entre la Ville de Nanterre et le
   C.C.A.S de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 8
   alinéa 2 du code des marchés publics. Le groupement a comme
   coordonnateur la Ville de Nanterre, chargée d'organiser la procédure,
   de signer et de notifier le marché pour chaque membre du groupement.
   Chacun d'entre eux s'assurant ensuite de sa bonne exécution. Les
   prestations de la présente procédure sont décomposées en 3 lots traités
   en marchés séparés. Les contrats sont souscrits à effet du 1.1.2016
   pour une durée de 5 ans avec faculté pour les deux parties de
   résiliation annuelle sous préavis de 4 mois avant l'échéance du 1er
   janvier.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   66512000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
   critères suivants
   1. Tarification: coefficent 3
   2. Nature et étendue des garanties  qualité des clauses
   contractuelles: coefficent 5
   3. Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des
   sinistres, par la compagnie et/ou l'intermédiaire: coefficient 2
   IV.2.2)Enchère électronique
   Une enchère électronique a été utilisée: non
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   DFA-AOOE-36-15
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 137-252769 du 18.7.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 170/2015 Lot nº: 1 - Intitulé: Assurance Risques statutaires
   du personnel (Ville et CCAS).
   V.1)Date d'attribution du marché:
   9.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 02
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Axa France Vie (candidature présentée en groupement avec OCAD SAS et
   Gras Savoye)
   313 terrasses de l'Arche
   92727 Nanterre
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: sans suite Lot nº: 2 - Intitulé: Assurance assistance
   rapatriement de la Ville
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   lot déclaré sans suite
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Marché nº: sans suite Lot nº: 3 - Intitulé: Assurance Assistance
   rapatriement du CCAS
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   lot déclaré sans suite
   FRANCE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   lUnion européenne: non
   VI.2)Informations complémentaires:
   Les lots 2 et 3 ont été déclarés sans suite.
   Prime de cotisation annuelle concernant le lot 1:
    pour la Ville: 207 899.95 euro
    pour le CCAS: 9 030.62 euro
   Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
   Annonce no 15-104415, mise en ligne le 15.7.2015
   Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal administratif
   2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
   95027 Cergy-Pontoise
   E-mail: [12]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
   Téléphone: +33 130173400
   Adresse internet: [13]http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 130173459
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   Tribunal administratif
   2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
   95027 Cergy-Pontoise
   E-mail: [14]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
   Téléphone: +33 130173400
   Adresse internet: [15]http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
   Fax: +33 130173459
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schaden- oder Verlustversicherungen - FI-Naantali
Schaden- oder Verlustversicherungen
Dokument Nr...: 8673-2016 (ID: 2016011213002346273)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FI-Naantali: Schaden- oder Verlustversicherungen
   2016/S 7/2016 8673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Naantalin Vuokratalot Oy
   0854471-5
   Henrikinkatu 3
   Kontaktstelle(n): www.novum.fi
   FI-21100 Naantali
   FINNLAND
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   66515000
   Beschreibung
   Schaden- oder Verlustversicherungen.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Niedrigstes Angebot 119 000 und höchstes Angebot 150 000 EUR
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Fennia
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 12/01/2016    S7    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta -
   Avoin menettely
   Suomi-Naantali: Vahinkovakuutukset
   2016/S 007-008673
   Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
   Palvelut
   Direktiivi 2004/18/EY
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
   Naantalin Vuokratalot Oy
   0854471-5
   Henrikinkatu 3
   Yhteyspiste(et): www.novum.fi
   FI-21100 Naantali
   SUOMI
   I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Muu: kunnan omistama vuokrataloyhtiö
   I.3)Pääasiallinen toimiala
   I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
   II kohta: Hankintasopimuksen kohde
   II.1)Kuvaus
   II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
   Vahinkovakuutusturvan hankkiminen.
   II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
   Palvelut
   Palvelujen pääluokka nro 6a:
   NUTS-koodi FI1
   II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
   hankintajärjestelmästä (DPS)
   II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
   Vahinkovakuutusturvan hankkiminen.
   II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
   66515000
   II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
   II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
   Alhaisin tarjous 119 000 ja korkein tarjous 150 000 EUR
   Ilman alv:tä
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Menettelyn luonne
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.2)Ratkaisuperusteet
   IV.2.1)Ratkaisuperusteet
   Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
   1. Tarjouspyynnön valintaperusteet
   IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
   IV.3)Hallinnolliset tiedot
   IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
   IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
   on julkaistu aiemmin
   Hankintailmoitus
   Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [6]2015/S 199-361443 , 14.10.2015
   V kohta: Sopimuksen tekeminen
   Sopimus nro: 1 Nimi : Vahinkovakuutukset
   V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
   V.2)Tietoa tarjouksista
   Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
   V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on
   tehty
   Fennia
   V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
   V.5)Tietoa alihankinnasta
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   VI.2)Lisätiedot:
   VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.3.1)Muutoksenhakuelin
   Markkinaoikeus
   Radanrakentajantie 5
   FI-00520 Helsinki
   SUOMI
   Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   Faksi: +358 295643314
   VI.3.2)Muutoksenhaku
   VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
   VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste - CZ-eské Budjovice
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
Dokument Nr...: 873-2016 (ID: 2016010209334238165)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  CZ-eské Budjovice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
   2016/S 1/2016 873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   eská republika  Státní pozemkový úad
   01312774
   Rudolfovská 80
   Kontaktstelle(n): SPÚ, KPÚ pro Jihoeský kraj
   Zu Händen von: Ing. Nikola Navrátilová
   370 01 eské Budjovice
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   Telefon: +420 739066518
   E-Mail: [4]n.navratilova@spucr.cz
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://spucr.cz
   Adresse des Beschafferprofils: [6]https://zakazky.spucr.cz
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [7]https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71250000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
   Vermessungsdienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 2 630 500 CZK
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   GK Plavec  Michalec Geodetická kancelá s.r.o.
   Budovcova 2530
   397 01 Písek
   TSCHECHISCHE REPUBLIK
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 5 048 550 CZK
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 2 630 500 CZK
   ohne MwSt
References
   4. mailto:n.navratilova@spucr.cz?subject=TED
   5. http://spucr.cz/
   6. https://zakazky.spucr.cz/
   7. https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
OT: 02/01/2016    S1    - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
   ízení
   eská republika-eské Budjovice: Architektonické, technické
   a zemmiské sluby
   2016/S 001-000873
   Oznámení o zadání zakázky
   Sluby
   Smrnice 2004/18/ES
   Oddíl I: Veejný zadavatel
   I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
   eská republika  Státní pozemkový úad
   01312774
   Rudolfovská 80
   Kontaktní místo: SPÚ, KPÚ pro Jihoeský kraj
   K rukám: Ing. Nikola Navrátilová
   370 01 eské Budjovice
   ESKÁ REPUBLIKA
   Tel.: +420 739066518
   E-mail: [6]n.navratilova@spucr.cz
   Internetové adresy:
   Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://spucr.cz
   Adresa profilu kupujícího: [8]https://zakazky.spucr.cz
   Elektronický pístup k informacím:
   [9]https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
   I.2)Druh veejného zadavatele
   Ministerstvo nebo jiný celostátní i federální orgán vetn jejich
   organizaních sloek
   I.3)Hlavní pedmt innosti
   Jiný: zemdlství
   I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
   Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
   Oddíl II: Pedmt zakázky
   II.1)Popis
   II.1.1)Název pidlený zakázce
   Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
   Orlík nad Vltavou.
   II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
   nebo plnní
   Sluby
   Kategorie slueb . 12: Sluby architekt; inenýrské sluby,
   integrované inenýrské sluby; územní plánování; související
   vdeckotechnické poradenství; technické testování a provádní analýz
   Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní: K.ú.
   Orlík nad Vltavou, obec Orlík nad Vltavou, okres Písek, kraj Jihoeský.
   Kód NUTS CZ031
   II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
   (DNS)
   II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
   Zámrem této veejné zakázky je zpracování kompletního návrhu komplexní
   pozemkové úpravy v k.ú. Orlík nad Vltavou vetn vech geodetických
   prací, a to v tíd pesnosti 3, urené pro obnovu katastrálního
   operátu a tvorby DKM.
   II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
   71250000
   II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
   Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
   II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
   Hodnota: 2 630 500 CZK
   Bez DPH
   Oddíl IV: ízení
   IV.1)Druh ízení
   IV.1.1)Druh ízení
   Otevené
   IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
   IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
   Nejnií nabídková cena
   IV.2.2)Informace o elektronické drab
   Byla pouita elektronická draba: ne
   IV.3)Administrativní informace
   IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
   2VZ12233/2015-505101
   IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
   ne
   Oddíl V: Zadání zakázky
   Název: Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
   území Orlík nad Vltavou
   V.1)Datum zadání zakázky:
   28.12.2015
   V.2)Informace o nabídkách
   Poet obdrených nabídek: 4
   V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
   GK Plavec  Michalec Geodetická kancelá s.r.o.
   Budovcova 2530
   397 01 Písek
   ESKÁ REPUBLIKA
   V.4)Údaje o hodnot zakázky
   Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
   Hodnota: 5 048 550 CZK
   Bez DPH
   Celková konená hodnota zakázky:
   Hodnota: 2 630 500 CZK
   Bez DPH
   V.5)Informace o subdodávkách
   Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
   uvete hodnotu nebo pomrnou ást zakázky, která bude pravdpodobn
   provedena subdodavatelsky tetími stranami:
   Hodnota bez DPH 290 305 CZK
   Struný popis hodnoty/pomrné ásti zakázky, která bude provedena
   subdodavatelsky: Projekce pozemkových úprav a projektování ÚSES.
   Oddíl VI: Doplující informace
   VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
   Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
   prostedk Evropské unie: ne
   VI.2)Dalí informace:
   Jedná se o sdruení GK Plavec  Michalec Geodetická kancelá s.r.o. a
   Ing. Jindich Jíra  Projekce.
   VI.3)Odvolací ízení
   VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [10]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [11]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.3.2)Podání odvolání
   Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
   návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
   15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
   napadá. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné
   doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
   námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
   námitkách nerozhodl.
   VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
   Úad pro ochranu hospodáské soute
   t. Kpt. Jaroe 7
   604 55 Brno
   ESKÁ REPUBLIKA
   E-mail: [12]posta@compet.cz
   Tel.: +420 542167811
   Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
   Fax: +420 542167115
   VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
   31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) - ES-Madrid
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Dokument Nr...: 8773-2016 (ID: 2016011213010746368)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  ES-Madrid: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
   2016/S 7/2016 8773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Dirección del Instituto de Salud Carlos III
   Sinesio Delgado, 4
   Kontaktstelle(n): Dirección del Instituto de Salud Carlos III
   28029 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 918222752
   E-Mail: [4]contratacion@isciii.es
   Fax: +34 913877809
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.isciii.es
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=MEJwHlltHJE%3D
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   60000000
   Beschreibung
   Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport).
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 265 779,36 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   UTE Carlos III  Campus Majadahonda
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 265 779,36 EUR
References
   4. mailto:contratacion@isciii.es?subject=TED
   5. http://www.isciii.es/
   6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MEJwHlltHJE%3D
OT: 12/01/2016    S7    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato
   - Procedimiento abierto
   España-Madrid: Servicios de transporte (excluido el transporte de
   residuos)
   2016/S 007-008773
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Servicios
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Dirección del Instituto de Salud Carlos III
   Sinesio Delgado, 4
   Punto(s) de contacto: Dirección del Instituto de Salud Carlos III
   28029 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 918222752
   Correo electrónico: [6]contratacion@isciii.es
   Fax: +34 913877809
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.isciii.es
   Dirección del perfil de comprador:
   [8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=MEJwHlltHJE%3D
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
   delegaciones regionales o locales
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Servicios generales de las administraciones públicas
   Salud
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Servicio de transporte del personal del ISCIII destinado en el Campus
   de Majadahonda.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Servicios
   Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
   ejecución: ISCIII.
   Código NUTS ES
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Servicio de transporte del personal del ISCIII destinado en el Campus
   de Majadahonda.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   60000000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 265 779,36 EUR
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   El precio más bajo
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   OM0176/2015
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio de licitación
   Número de anuncio en el DOUE: [9]2015/S 132-243715 de 11.7.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   10.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   UTE Carlos III  Campus Majadahonda
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total final del contrato:
   Valor: 265 779,36 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Windenergieanlagen - DE-Bielefeld
Windenergieanlagen
Dokument Nr...: 8873-2016 (ID: 2016011213020646466)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  DE-Bielefeld: Windenergieanlagen
   2016/S 7/2016 8873
   Bekanntmachung vergebener Aufträge  Versorgungssektoren
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG
   Schildescher Straße 16
   Zu Händen von: Herrn Andreas Reinsch
   33611 Bielefeld
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 521/517373
   E-Mail: [6]andreas.reinsch@stadtwerke-bielefeld.de
   Fax: +49 521/514071
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.stadtwerke-bielefeld.de
   I.2)Haupttätigkeit(en)
   Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme
   Strom
   Wasser
   I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
   Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
   Windenergieanlagen der Multimegawattklasse.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   NUTS-Code DEA41
   II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem (DBS)
   II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
   Gegenstand der Ausschreibung ist die Errichtung von bis zu 3
   Windenergieanlagen der Multimegawattklasseam Bielefelder Stadtrand,
   nahe dem Autobahnkreuz A2/A33. Teilnahmewettbewerb und Ausschreibung
   werden von der Stadtwerke Bielefeld GmbH durchgeführt. Die Beauftragung
   soll durch eine noch zu gründende Betreibergesellschaft erfolgen. Der
   geplante Standort ist noch nicht als Vorranggebiet im
   Flächennutzungsplanausgewiesen. Eine Ausweisung wird für das Frühjahr
   2015 erwartet. Eine Auftragsvergabe erfolgt vorbehaltlichder
   BImSchG-Genehmigung.
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45251160
   II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum Wettbewerb
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   Auftragsbekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2014/S 212-376100 vom 4.11.2014
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
   V.1.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
   5.1.2016
   V.1.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
   V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Vestas Deutschlanf GmbH
   Eduard-Pestel-Straße 2
   49080 Osnabrück
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 541-335320
   Fax: +49 541-3353219
   V.1.4)Angaben zum Auftragswert
   V.1.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
   V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.2)Zusätzliche Angaben:
   VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   8.1.2016
References
   6. mailto:andreas.reinsch@stadtwerke-bielefeld.de?subject=TED
   7. http://www.stadtwerke-bielefeld.de/
   8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376100-2014:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Eisenbahnmaterial - FR-Coquelles
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 8973-2016 (ID: 2016011213024946564)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  FR-Coquelles: Eisenbahnmaterial
   2016/S 7/2016 8973
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Eurotunnel
   Batiment F94 BP 69
   Zu Händen von: Karine Dekerck
   62904 Coquelles
   FRANKREICH
   Telefon: +33 0321004758
   E-Mail: [4]karine.dekerck@eurotunnel.com
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.eurotunnel.com
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34940000
   Beschreibung
   Eisenbahnmaterial.
   Angaben zu den Losen
   Los-Nr: 1 Bezeichnung: Study, design, integration and supply 1 100%
   battery or Bi-mode battery Diesel Shunting Locomotive
   1)Kurze Beschreibung:
   Lot 1:
   Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
   Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
   Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
   locomotives.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34940000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Beginn 3.7.2017 Abschluss 31.7.2019
   Los-Nr: 2 Bezeichnung: Study, design, integration and supply 1 Diesel
   shunting locomotive
   1)Kurze Beschreibung:
   Lot 2:
   Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
   locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
   Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
   Locomotives from our current fleet.
   2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34940000
   4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
   Auftrags
   Beginn 3.7.2017 Abschluss 31.7.2019
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   21.1.2016
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch. Französisch.
References
   4. mailto:karine.dekerck@eurotunnel.com?subject=TED
   5. http://www.eurotunnel.com/
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Contract notice - Negotiated
   procedure
   France-Coquelles: Railway equipment
   2016/S 007-008973
   Contract notice  utilities
   Services
   Directive 2004/17/EC
   Section I: Contracting entity
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   Eurotunnel
   Batiment F94 BP 69
   For the attention of: Karine Dekerck
   62904 Coquelles
   FRANCE
   Telephone: +33 0321004758
   E-mail: [6]karine.dekerck@eurotunnel.com
   Internet address(es):
   General address of the contracting entity: [7]www.eurotunnel.com
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for a
   dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned
   contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Main activity
   Railway services
   Other: transport
   I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
   entities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
   Supply 1 100% battery or Bi-mode battery/diesel shunting locomotive and
   supply or refurbish 1 diesel powered shunting locomotive for the
   purpose of Infrastructure Works Trains within the Eurotunnel
   Concession.
   Lot 1 Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery
   or Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive. Optional part: Supply of
   11 100 % Battery Diesel Shunting locomotives.
   Lot 2 Firm part: study, design, integration and supply of Diesel
   shunting locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current
   fleet. Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish
   Schoma Locomotives from our current fleet.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 27: Other services
   Main site or location of works, place of delivery or of performance:
   Shunting Locomotives are to be manufactured and commissioned at the
   supplier's factory, further commissioning and delivery will be required
   at the Eurotunnel Concession in Calais France or Folkestone, England.
   NUTS code FR30,UKJ4
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
   Eurotunnel currently completes infrastructure maintenance activities in
   100 km of tunnels using a fleet of 12 Schoma Diesel powered
   locomotives. With an objective of continued reduction of exhaust
   emissions and air-borne pollutants within the running tunnels during
   works the study, design, integration and supply of 2 shunting
   locomotives are required.
   The 1^st locomotive requirement is for a 100% battery or Bi-mode
   battery/diesel locomotive.
   The 2^nd locomotive requirement is for a Diesel powered locomotive, the
   2^nd locomotive may be a new locomotive or refurbishment of a Schoma
   diesel locomotive from our current fleet.
   Where possible the same components must be used for both types of
   shunting locomotive.
   The shunting locomotives will operate in the following parameters:
   Normal operating mode:
   Hauling loads of 20-200 T at constant speeds between 0,5 kph and 30 kph
   on gradients between 0 % and 1,2 % between 8-12 hrs.
   Remote Operation:
   Both Locomotives must be designed to be controlled by a remote desk
   positioned on the adjacent wagon/elevated platform.
   Trailer mode:
   The shunting locomotives must be designed to be hauled as a vehicle in
   passenger mode brake setting at a minimum speed of 100 kph.
   100 % battery/ Bi-mode battery/diesel locomotive:
   The shunting locomotive must operate for a minimum of 12 hrs on 100 %
   battery power and 12 hrs for a Bi-mode battery/diesel Locomotive. The
   Diesel generator on the Bi-mode battery/diesel Locomotive must conform
   to the latest Euro emission standards.
   Diesel Locomotive (new):
   A new Diesel locomotive must comply with the latest Euro emission
   standards and where possible use the same global design and components
   as the 100 % battery/Bi-mode battery/diesel locomotives.
   Diesel locomotive (refurbishment option):
   A refurbished Schoma Locomotive from the current operational fleet must
   comply with the latest Euro Emission Standards and where possible use
   the same global design and components as the 100 % battery/ Bi-mode
   battery/diesel locomotives.
   All locomotive types must conform to the current UIC or equivalent
   EN/GM standards in the following areas:
    Diesel engine emissions,
    Wheel sets,
    Drivers cab and driving controls,
    Buffers and coupling,
    Traction batteries,
    Fuel tanks,
    Pneumatic air generation and brake system,
    Parking brake,
    Exterior lighting,
    Fire suppression,
    Hydraulic systems where applicable,
    Gauge.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   34940000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
   no
   II.1.8)Information about lots
   This contract is divided into lots: yes
   Tenders may be submitted for one or more lots
   II.1.9)Information about variants
   Variants will be accepted: no
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   Lot 1:
   Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
   Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
   Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
   locomotives.
   Lot 2:
   Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
   locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
   Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
   Locomotives from our current fleet.
   II.2.2)Information about options
   Options: yes
   Description of these options: Lot 2: Option to refurbish a Schoma
   Locomotive from our Current fleet.
   Eurotunnel since 1994 currently own and operate a fleet of 12 Schoma
   Locomotives consisting of 9 CFL 200 and 3 CS 200 type shunting
   locomotives. The 26T 2 axle Schoma Locomotives are all powered using
   Deutz F10L 413 W, these units are air cooled naturally aspirated diesel
   engines producing 170 kW at 2 300 rpm.
   For this lot, possibility is given to supplier to provide quotation for
   new diesel locomotive and/or quotation for the refurbishment of the
   current ones (Schoma).
   II.2.3)Information about renewals
   This contract is subject to renewal: no
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
   Information about lots
   Lot No: 1 Lot title: Study, design, integration and supply 1 100%
   battery or Bi-mode battery Diesel Shunting Locomotive
   1)Short description:
   Lot 1:
   Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
   Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
   Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
   locomotives.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   34940000
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
   Lot No: 2 Lot title: Study, design, integration and supply 1 Diesel
   shunting locomotive
   1)Short description:
   Lot 2:
   Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
   locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
   Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
   Locomotives from our current fleet.
   2)Common procurement vocabulary (CPV)
   34940000
   4)Indication about different date for duration of contract or
   starting/completion
   Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   Performance guarantee.
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   Payment terms in 60 days from invoice date.
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   Registered companies or groups of companies(partnership/JV).
   III.1.4)Other particular conditions:
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: The following information should be sent to
   Eurotunnel with the application form and is a pre-requisite for the
   dispatch of specifications.
    Company registration certificate;
    Statement confirming no intention to file for bankruptcy;
    Statement confirming you are eligible to compete;
    Statement confirming you have satisfied all social and fiscal
   obligations for last 2 years;
    Details of any Court proceedings in last 5 years.
   III.2.2)Economic and financial ability
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: The following information should be sent to
   Eurotunnel with the application form and is a pre-requisite for the
   dispatch of specifications.
    Turn over and results for the last 3 years;
    Turn over and results for the last 3 years for above defined activity
   (see II.2.1));
    Details of any subsidiary company or parent company;
    Number of people employed  number of people for each lot;
    Certificates: Quality, safety and environment certification;
    Insurance certificates with amounts and risks warranted.
   III.2.3)Technical capacity
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met:  Security policy / quality / environment;
    Experiences and references of similar contracts the last 3 years
   (with customer contact list);
    Staffing equipment, means of production;
    Experience and references in the field;
    Workforce strength;
    Industrial and commercial profile of the Company;
    Description of the method followed in similar projects;
    Description of the safety procedures;
    Reference of the contractors to similar projects in the railway
   activity generally speaking;
    Client references in the domain;
    Description of the quality system of the contractor and the methods
   used to guarantee the highest level of quality;
    Equipment, material, people and ability;
    Certificates: quality, environmental and others.
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Negotiated
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications or in the invitation to tender or to
   negotiate
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   (except for a DPS)
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   21.1.2016
   IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English. French.
   IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.7)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   VI.2)Information about European Union funds
   VI.3)Additional information:
   Under the negotiated procedure, Eurotunnel reserves the right to
   gradually reduce the number of competing bidders.
   The informations requested to participate to the tender must be sent by
   external mail with USB key and also by electronic mail.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   Tribunal de grande instance de Lille
   59034 Lille
   FRANCE
   Telephone: +33 320783333
   Fax: +33 320783452
   Body responsible for mediation procedures
   Tribunal de grande instance de Lille
   59034 Lille
   FRANCE
   Telephone: +33 320783333
   Fax: +33 320783452
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   Tribunal de grande instance de Lille
   59034 Lille
   FRANCE
   Telephone: +33 320783333
   Fax: +33 320783452
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Ingenieurbüros - CH-Estavayer-le-Lac
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 9073-2016 (ID: 2016011213041746661)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
  CH-Estavayer-le-Lac: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
   2016/S 7/2016 9073
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Office fédéral des routes  infrastructure routière Ouest filiale
   Estavayer-le-Lac
   Place de la Gare 7
   Kontaktstelle(n): Gestion des projets
   1470 Estavayer-le-Lac
   SCHWEIZ
   E-Mail: [4]marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   71300000
   Beschreibung
   Dienstleistungen von Ingenieurbüros.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Lombardi SA Ingegneri Consulenti
   Via R. Simen 19
   6648 Minusio
   SCHWEIZ
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 431 100 CHF
References
   4. mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch?subject=TED
OT: 12/01/2016    S7    - - Services - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   Suisse-Estavayer-le-Lac: Services d'ingénierie
   2016/S 007-009073
   Avis dattribution de marché
   Services
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Office fédéral des routes  infrastructure routière Ouest filiale
   Estavayer-le-Lac
   Place de la Gare 7
   Point(s) de contact: Gestion des projets
   1470 Estavayer-le-Lac
   SUISSE
   E-mail: [6]marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
   leurs subdivisions régionales ou locales
   I.3)Activité principale
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   N09 ANT.Vallorbe  Essert-Pittet  sécurisation trafic (étape 2) 
   prestations d'auteur de projet avec direction locale des travaux 
   domaine électromécanique  phase MP à 53
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Services
   Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
   d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
   urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
   scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
   Code NUTS
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   71300000
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Avis de marché
   Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 194-352867 du 7.10.2015
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: 1
   V.1)Date d'attribution du marché:
   23.12.2015
   V.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 2
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Lombardi SA Ingegneri Consulenti
   Via R. Simen 19
   6648 Minusio
   SUISSE
   V.4)Informations sur le montant du marché
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 431 100 CHF
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   Raisons de la décision d'adjudication: il s'agit de l'offre
   économiquement la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des
   critères d'adjudication.
   Indication des voies de recours: conformément à l'article 30 LMP, la
   présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à
   compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral,
   case postale, 9023 Saint-Gallen. Le mémoire de recours, à présenter en
   2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et
   portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y
   seront jointes une copie de la présente publication et les pièces
   invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
   Pas d'indications.
   Publication de référence nationale: simap de la 8.1.2016, document
   896625.
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schallisolierung - DE-Frankfurt am Main
Schallisolierung
Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
Dokument Nr...: 9173-2016 (ID: 2016011309010646818)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  DE-Frankfurt am Main: Schallisolierung
   2016/S 8/2016 9173
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH
   Nibelungenallee 37-41
   Zu Händen von: Frau Gierok
   60318 Frankfurt am Main
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +069 1500319
   Fax: +069 1500227
   Weitere Auskünfte erteilen: Haack+Klauke+Schlüter Ingenieurgesellschaft
   mbh
   Rattenberg 22
   Zu Händen von: Herrn Schlüter
   37671 Höxter
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 5277952610
   E-Mail: [6]hkshx@t-online.de
   Fax: +49 5277536
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: Haack+Klauke+Schlüter Ingenieurgsellschaft mbh
   Rattenberg 22
   Zu Händen von: Herrn Schlüter
   37671 Höxter
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 5277952610
   E-Mail: [7]hkshx@t-online.de
   Fax: +49 5277536
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bürgerhospital und
   Clementine Kinderhospital gGmbH
   Nibelungenallee 37-41
   Zu Händen von: Frau Gierok
   60318 Frankfurt
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +049 691500319
   Fax: +49 691500227
   I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.3)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
   Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
   Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
   Bürgerhospital Frankfurt am Main  BA 3a  Ersatzneubau für Funktions-
   und Pflegebereiche sowie Umstrukturierung im Bestand.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Bauauftrag
   Ausführung
   Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
   Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt.
   NUTS-Code DE712
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
   Neubau zur Unterbringung einer Operationsabteilung, einer
   Entbindungsabteilung und von Pflegebereichen für die Klinik für
   Neonatologie und für die Frauenklinik. Schaffung von Pkw-Stellplätzen
   und zusätzlichen Sekundärbereichen (Umkleiden, Archive und
   Lagerflächen).
   Umstrukturierung der Station N4 hin zu einer neonatologischen
   Intermediat-Care-Station. Verlagerung des Pflegebereichs der Klinik für
   Neugeborene-, Kinderchirurgie und -urologie. Neuordnung und
   -strukturierung der Speisenversorgung und des gesamten
   Logistikkonzeptes am Bürgerhospital.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44112600, 44160000
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Lose
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   Titel 1  Wärmedämmung Heizungsanlage;
   Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Blechmantelverkleidung;
   DN 15 bis DN 25, ca. 250 m;
   DN 32 bis DN 50, ca. 340 m;
   DN 65 bis DN 80, ca. 270 m;
   DN 100 bis DN 125, ca. 200 m.
   Wärmedämmung an Rohrleitungen Mineralfaser Alu-, Kaschiert;
   DN 15 bis DN 25, ca. 650 m;
   DN 32 bis DN 50, ca. 340 m;
   DN 65 bis DN 80, ca. 270 m;
   DN 100 bis DN 125, ca. 200 m.
   Dämmung von Absperr- und Regulierarmaturen (Dämmkappen);
   DN 15 bis DN 25, ca. 64 St.;
   DN 32 bis DN 50, ca. 114 St.;
   DN 65 bis DN 80, ca. 50 St.;
   DN 100 bis DN 125, ca. 53 St..
   Titel 2: Wärmedämmung-Kühlwasserleitung;
   Wärmedämmung an Rohrleitungen zur Vermeidung von Tauwasserbildung;
   DN 15 bis DN 25, ca. 500 m;
   DN 32 bis DN 50, ca. 335 m;
   DN 65 bis DN 80, ca. 250 m;
   DN 100 bis DN 125, ca. 340 m;
   DN 150 bis DN 200, ca. 265 m.
   Dämmung von Absperr- und Regulierarmaturen (Dämmkappen):
   DN 15 bis DN 25, ca. 30 St.;
   DN 32 bis DN 50, ca. 66 St.;
   DN 65 bis DN 80, ca. 48 St.;
   DN 100 bis DN 125, ca. 30 St.;
   DN 150 bis DN 200, ca. 96 St.
   Titel 3: Wärmedämmung-Sanitärinstallation;
   Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Blechmantelverkleidung:
   DN 15 bis DN 25, ca. 70 m;
   DN 32 bis DN 50, ca. 240 m;
   DN 65 bis DN 80, ca. 160 m.
   Wärmedämmung an Rohrleitungen Mineralfaser Alu- Kaschiert:
   DN 15 bis DN 25, ca. 5740 m;
   DN 32 bis DN 50, ca. 845 m;
   DN 65 bis DN 80, ca. 370 m.
   Titel 4: Wärmedämmung Lüftungsanlage;
   Wärmedämmung an Kanälen im Aussenbereich mit Mineralfaserwolle 100 mm
   und wasserdichten Blechmantel: ca. 1 656 m²;
   Wärmedämmung an Kanälen mit Mineralfaserwolle 30mm und
   Blechmantelverkeldung: ca. 2 200 m²;
   Wärmedämmung an Kanälen mit Mineralfasewolle 30 mm: ca. 5 950 m²;
   Wärmedämmung an Kanälen in Tauwasserdichter Ausführung, 19 mm: ca. 550
   m²;
   Titel 5: Wartung;
   Wartungsarbeiten gem. VDMA: 5 Jahre.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Beginn 1.12.2017. Abschluss 31.10.2018
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   10 % Vertragserfüllungsbürgschaft bei Auftragssumme über 250 000 EUR.
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
   3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
   HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
   Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
   Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
   Auflagen zu überprüfen:
   Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
   anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
   zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
   und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offen
   IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
   Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
   Kriterien
   1. Preis. Gewichtung 100
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
   401 - Dämmung Techn. Anlagen
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 1.3.2016 - 23:59
   Kostenpflichtige Unterlagen: ja
   Preis: 40 EUR
   Zahlungsbedingungen und -weise: Überweisung auf das Sonderkonto
   Schutzgebühr bei der Sparkasse Höxter;
   IBAN  Nr. DE39 4725 1550 0003 0460 67  BIG WELADED 1HXB mit Angabe
   der Gewerk-Nr.
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   10.3.2016 - 09:00
   IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
   Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.7)Bindefrist des Angebots
   bis: 29.4.2016
   IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 10.3.2016 - 9:00
   Ort:
   Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, Frankfurt am Main.
   Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
   Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
   Bieter.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben
   Nachr. HAD-Ref.: 5419/41;
   nachr. V-Nr/AKZ: 401  Dämmung Techn. Anlagen.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
   wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
   ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
   Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
   Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
   GWB).
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
   Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   64283 Darmstadt
   DEUTSCHLAND
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11.1.2016
References
   6. mailto:hkshx@t-online.de?subject=TED
   7. mailto:hkshx@t-online.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten - FR-Bagneux
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
Dokument Nr...: 9273-2016 (ID: 2016011309015246915)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  FR-Bagneux: Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
   2016/S 8/2016 9273
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Bauauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Agefiph
   192 avenue Aristide Briand
   Kontaktstelle(n): Département achats
   92220 Bagneux
   FRANKREICH
   Telefon: +33 800111009
   E-Mail: [4]cellule-marches@agefiph.asso.fr
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.agefiph.fr
   Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches.agefiph.fr
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45454100
   Beschreibung
   Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten.
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: DMG 2015-1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Amsycom
   V.4)Angaben zum Auftragswert
References
   4. mailto:cellule-marches@agefiph.asso.fr?subject=TED
   5. http://www.agefiph.fr/
   6. http://www.marches.agefiph.fr/
OT: 13/01/2016    S8    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
   marché - Procédure ouverte
   France-Bagneux: Travaux de réfection
   2016/S 008-009273
   Avis dattribution de marché
   Travaux
   Directive 2004/18/CE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
   Agefiph
   192 avenue Aristide Briand
   Point(s) de contact: Département achats
   92220 Bagneux
   FRANCE
   Téléphone: +33 800111009
   E-mail: [6]cellule-marches@agefiph.asso.fr
   Adresse(s) internet:
   Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.agefiph.fr
   Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches.agefiph.fr
   I.2)Type de pouvoir adjudicateur
   Autre: Association loi 1901
   I.3)Activité principale
   Autre: Insertion professionnelle des personnes handicapées
   I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
   adjudicateurs
   Section II: Objet du marché
   II.1)Description
   II.1.1)Intitulé attribué au marché
   DMG 2015-1 Travaux de rénovation et d'aménagement des locaux du siège
   et des délégations régionales de l'Agefiph.
   II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
   prestation
   Travaux
   Exécution
   Code NUTS FR
   II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
   II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
   acquisitions
   Travaux de rénovation et d'aménagement des locaux du siège et des
   délégations régionales de l'Agefiph.
   II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
   45454100
   II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
   Section IV: Procédure
   IV.1)Type de procédure
   IV.1.1)Type de procédure
   Ouverte
   IV.2)Critères dattribution
   IV.2.1)Critères dattribution
   IV.2.2)Enchère électronique
   IV.3)Renseignements d'ordre administratif
   IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
   adjudicateur
   DMG 2015-1
   IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
   Section V: Attribution du marché
   Marché nº: DMG 2015-1 Lot nº: 1 - Intitulé: DMG 2015-1
   V.1)Date d'attribution du marché:
   V.2)Informations sur les offres
   V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué
   Amsycom
   V.4)Informations sur le montant du marché
   V.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
   VI.2)Informations complémentaires:
   VI.3)Procédures de recours
   VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
   Tribunal de grande instance de Nanterre
   179-191 avenue Joliot-Curie
   92020 Nanterre
   VI.3.2)Introduction des recours
   VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction des recours
   VI.4)Date denvoi du présent avis:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte - CZ-Pardubice
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
Wartung und Reparatur von Reprografiegeräten
Dokument Nr...: 9373-2016 (ID: 2016011309025847009)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  CZ-Pardubice: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
   2016/S 8/2016 9373
   Univerzita Pardubice, Studentská 95, Zu Händen von: Ing. Monika
   Müllerová, Pardubice 532 10, TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420
   466036236. E-Mail: monika.mullerova@upce.cz
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 18.11.2015, [1]2015/S
   223-406260)
   Betr.:
   CPV:30120000, 30125000, 50313000
   Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
   Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
   Wartung und Reparatur von Reprografiegeräten
   Nichtabgeschlossenes Verfahren
   Der Auftrag wurde nicht vergeben
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406260-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016    S8    - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
   ízení
   eská republika-Pardubice: Zaízení pro fotokopírování a ofsetové
   tiskaské zaízení
   2016/S 008-009373
   Univerzita Pardubice, Studentská 95, K rukám: Ing. Monika Müllerová,
   Pardubice 532 10, ESKÁ REPUBLIKA. Tel.: +420 466036236. E-mail:
   monika.mullerova@upce.cz
   (Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 18.11.2015, [1]2015/S
   223-406260)
   Pedmt:
   CPV:30120000, 30125000, 50313000
   Zaízení pro fotokopírování a ofsetové tiskaské zaízení
   ásti a písluenství fotokopírovacích stroj
   Opravy a údrba reprografické techniky
   Nedokonené ízení
   Zakázka nebyla zadána
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kartons - RO-Bacau
Kartons
Müllsäcke und -beutel aus Polyethylen
Abfallbehälter für scharfe Gegenstände
Dokument Nr...: 9473-2016 (ID: 2016011309035547108)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  RO-Bacau: Kartons
   2016/S 8/2016 9473
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Spitalul Judetean de Urgenta Bacau
   Str. Spiru Haret nr. 2-4
   Zu Händen von: Teofil Rosu
   600114 Bacau
   RUMÄNIEN
   Telefon: +40 234534000-1391
   E-Mail: [4]licitatii_elec@sjubc.ro, [5]licitatii_sjubc@yahoo.ro
   Fax: +40 234517424 / 234515184
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.sjubc.ro
   Adresse des Beschafferprofils: [7]www.e-licitatie.ro
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   44617100, 19640000, 33141123
   Beschreibung
   Kartons.
   Müllsäcke und -beutel aus Polyethylen.
   Abfallbehälter für scharfe Gegenstände.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 16.2.2016 - 15:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   22.2.2016 - 10:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Rumänisch.
References
   4. mailto:licitatii_elec@sjubc.ro?subject=TED
   5. mailto:licitatii_sjubc@yahoo.ro?subject=TED
   6. http://www.sjubc.ro/
   7. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 13/01/2016    S8    - - Bunuri - Anun de participare - licitaie
   deschis
   România-Bacau: Cutii mari de carton
   2016/S 008-009473
   Anun de participare
   Produse
   Directiva 2004/18/CE
   Seciunea I: Autoritatea contractant
   I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
   Spitalul Judetean de Urgenta Bacau
   Str. Spiru Haret nr. 2-4
   În atenia: Teofil Rosu
   600114 Bacau
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 234534000-1391
   E-mail: [6]licitatii_elec@sjubc.ro, [7]licitatii_sjubc@yahoo.ro
   Fax: +40 234517424 / 234515184
   Adres (adrese) Internet:
   Adresa general a autoritii contractante: [8]www.sjubc.ro
   Adresa profilului cumprtorului: [9]www.e-licitatie.ro
   Alte informaii pot fi obinute de la: Punctul (punctele) de contact
   menionat(e) anterior
   Caietul de sarcini i documente suplimentare (inclusiv documentele
   pentru dialog competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi
   obinute de la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
   Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul
   (punctele) de contact menionat(e) anterior
   I.2)Tipul autoritii contractante
   Altele: unitate spitaliceasca
   I.3)Activitate principal
   Sntate
   I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
   Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
   contractante: nu
   Seciunea II: Obiectul contractului
   II.1)Descriere
   II.1.1)Denumirea atribuit contractului de autoritatea contractant:
   Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase, pachet recipienti
   polipropilena pentru deseuri infectioase intepatoare-taitoare, pachet
   saci polietilena inalta densitate si pungi autocalvabile polipropilena
   II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
   livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
   Produse
   Cumprare
   Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
   Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, str. Spiru Haret nr. 2.
   Cod NUTS RO211
   II.1.3)Informaii privind contractul de achiziii publice,
   acordul-cadru sau sistemul de achiziie dinamic (SAD)
   Anunul implic încheierea unui acord-cadru
   II.1.4)Informaii privind acordul-cadru
   Acord-cadru cu mai muli operatori economici
   numrul maxim de participani la acordul-cadru preconizat: 3
   Durata acordului-cadru
   Durata în luni: 48
   Valoarea total estimat a achiziiilor pentru întreaga durat a
   acordului-cadru
   Valoarea estimat fr TVA: 1 195 488 RON
   Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite:
   Contractele subsecvante se vor incheia la un interval de 12
   (douasprezece) luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale
   contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini si sectiunea
   Informatii privind loturile.
   II.1.5)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
   Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase, pachet recipienti
   polipropilena pentru deseuri infectioase intepatoare-taietoare, pachet
   saci polietilena inalta densitate si pungi autoclavabile polipropilena
    pericol biologic.
   II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   44617100, 19640000, 33141123
   II.1.7)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
   Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
   (AAP): da
   II.1.8)Loturi
   Contractul este împrit în loturi: da
   Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
   II.1.9)Informaii privind variantele
   Vor fi acceptate variante: nu
   II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
   II.2.1)Cantitatea total sau domeniul:
   Conform caiet de sarcini si sectiunea Informatii privind loturile.
   Valoarea estimat fr TVA: 1 195 488 RON
   II.2.2)Informaii privind opiunile
   Opiuni: nu
   II.2.3)Informaii privind reînnoirile
   II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
   Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
   Informaii privind loturile
   Lot nr: 1 Denumire: Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase
   (pericol biologic)
   1)Descriere succint
   Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase (pericol biologic).
   2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   44617100
   3)Cantitate sau domeniu
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea estimat fr TVA: 723 600 RON
   4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
   începere/finalizare
   Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
   5)Informaii suplimentare privind loturile
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea garantiei de participare este: 7 236 RON.
   Lot nr: 2 Denumire: Pachet recipienti polipropilena deseuri infectioase
   intepatoare-taietoare (pericol biologic)
   1)Descriere succint
   Pachet recipienti polipropilena deseuri infectioase
   intepatoare-taietoare (pericol biologic).
   2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   33141123
   3)Cantitate sau domeniu
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea estimat fr TVA: 404 160 RON
   4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
   începere/finalizare
   Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
   5)Informaii suplimentare privind loturile
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea garantiei de participare este: 4 041,60 RON.
   Lot nr: 3 Denumire: Pachet saci polietilena inalta densitate si pungi
   autoclavabile polipropilena (pericol biologic)
   1)Descriere succint
   Pachet saci polietilena inalta densitate si pungi autoclavabile
   polipropilena (pericol biologic).
   2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
   19640000
   3)Cantitate sau domeniu
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea estimat fr TVA: 67 728 RON
   4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
   începere/finalizare
   Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
   5)Informaii suplimentare privind loturile
   Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
   Valoarea garantiei de participare este: 677,28 RON.
   Seciunea III: Informaii juridice, economice, financiare i tehnice
   III.1)Condiii referitoare la contract
   III.1.1)Depozite i garanii solicitate:
   Garantia de participare reprezinta 1 %, din valoarea maxima estimata a
   fiecarui lot, fara TVA in cuantumul prevazut in sectiunea Informatii
   privind loturile a prezentei Fise de date si in caietul de sarcini cu
   respectarea art. 43/1 din OUG 34/2006, actualizata. Dovada constituirii
   garantiei de participare se va depune in orginal la sediul autoritatii
   contractante pana la data deschiderii ofertelor. Valabilitatea
   garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de
   depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie in
   conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, prin virament bancar sau
   printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
   societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si
   pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Contul IBAN de
   garantii in care se poate face viramentul este: RO31TREZ 0615006 XXX
   006 582 deschis la Trezorerie Bacau, CF 4278728. Operatorul ec.
   contestator are obligatia de a constitui garantia de buna conduita prin
   virament bancar, instrument de garantare sau printr-o societate de
   asigurari (in cf. cu art. 271.1 din OUG 34/2006 actualizata). Curs BNR
   din data publicarii anuntului de participare. Banca pt. echivalenta
   RON/valuta: BNR. Pentru a beneficia de reducerea cu 50 % a garantiei se
   va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se
   incadreaza in IMM  formular 11. Cuantumul garantiei de buna executie
   este de 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA si se
   constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii
   de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG
   925/2006, art. 90, modificat si completat prin HG 1045/2011.
   Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator.
   Pentru a beneficia de reducerea cu 50 % a garantiei se va prezenta
   declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM 
   formular 11.
   III.1.2)Principalele condiii de finanare i modaliti de plat
   i/sau trimitere la dispoziiile relevante care le reglementeaz:
   Fonduri bugetare.
   III.1.3)Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici
   cruia i se atribuie contractul:
   Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
   completarile ulterioare.
   III.1.4)Alte condiii speciale
   Executarea contractului este supus unor condiii speciale: nu
   III.2)Condiii de participare
   III.2.1)Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele
   referitoare la înscrierea în registrul comerului sau al profesiei
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor: Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG
   34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
   Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.
   34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin legea nr.
   337/2006.
   Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr.
   34/2006, prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator,
   daca este cazul.
   Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
   Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare
   fiscala al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia
   societate are sediul social/sediile secundare (pentru toate sediile,
   atat principal, cat si pentru sediile secundare/puncte de lucru)
   privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat care sa ateste
   ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care
   este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor  original sau
   copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
   originalul sau declaratie pe propia raspundere potrivit art. 11 alin.
   (4), (5) din HG 925/2006.
   Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale 
   Certificatul fiscal va prezenta lipsa datoriilor scadente la nivelul
   lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
   depunere a ofertelor sau declaratie pe propia raspundere potrivit art.
   11 alin. (4), (5) din HG 925/2006.
   Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Se vor prezenta orice
   documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in
   care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea
   obligatiilor scadente de plata catre bugetul de stat si bugetul local,
   în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
   Persoane cu functii de conducere: manager  ec. Popa George Adrian;
   dir. fin.-cont. ec. Anton Adriana, director medical  dr. Taga Aurelia,
   sef Serviciu Licitatii Rosu Teofil. Certificat constatator emis de
   Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata/copie
   lizibila semnata si stampilata conform cu originalul. Informatiile din
   acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru
   depunerea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba
   corespondenta in codul CAEN din certif. constatator. Autoritatea
   contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea
   pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata,
   inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
   atribuire
   Aviz de functionare si anexa elibrat de MS conform Legii 95/2006
   modificata cu OUG 2/2014 art. 888, valabil la termenul limita de
   depunere a ofertelor- copie lizibila conforma cu originalul. Pentru
   persoane juridice straine, in vederea demonstarii capacitatii de
   exercitare a activitatii profesionale se solicita ofertantului
   prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
   inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale
   din tara in care este rezident. Documentele prezentate trebuie sa
   ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice
   care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii.
   Ofertantii  persoane juridice straine vor prezenta documentele
   insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei
   asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
   pentru partea din contract pe care o realizeaza.
   III.2.2)Capacitatea economic i financiar
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor: 1. Bilant contabil inregistrat din data de 31.12.2014,
   vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte
   anuale,scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de
   audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin
   care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
   2. Cifra medie de afaceri in domeniul distributii de produse ce fac
   obiectului contractului, pe ultimii 3 ani.
   Nivel(uri) minim(e) necesar(e): 1. Xerocopie semnata si stampilata de
   reprezentantul legal cu mentiunea ,,Conform cu originalul ,, 2.Cerinta
   obligatorie -Completare Fisa de informatii generale -Se va indica
   cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in
   parte.- Formularul 3.
   III.2.3)Capacitatea tehnic
   Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
   cerinelor:
   1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare
   din ultimii 3 ani
   2. Mostre de produs pentru fiecare lot. Mostrele prezentate de catre
   ofertantul castigator se vor pastra ca etalon, iar cele prezentate de
   catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5
   zile de la incheierea contractului/acordului-cadru.
   3. Neprezentarea de mostre la termenul limita de depunere a ofertelor
   duce automat la descalificarea ofertantului
   Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform
   ISO 9001:2008 sau echivalent.
   Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
   Completarea Formularelor nr. 4 din sectiunea Formulare
   Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea
   conform cu originalul.
   III.2.4)Informaii privind contractele rezervate
   III.3)Condiii specifice pentru contractele de servicii
   III.3.1)Informaii privind o anumit profesie
   Prestarea serviciilor în cauz este rezervat unei anumite profesii: nu
   III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
   Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile
   profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
   serviciilor respective: nu
   Seciunea IV: Procedur
   IV.1)Tipul procedurii
   IV.1.1)Tipul procedurii
   Deschis
   IV.1.2)Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte
   oferte sau s participe
   IV.1.3)Reducerea numrului de operatori economici în timpul negocierii
   sau al dialogului
   IV.2)Criterii de atribuire
   IV.2.1)Criterii de atribuire
   Cel mai mic pre
   IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
   Se va organiza o licitaie electronic: da
   Informaii suplimentare despre licitaia electronic: Licitatia
   electronica se desfasoara in SEAP si cuprinde o runda. Elementul care
   face obiectul procesului de ofertare este pretul total al fiecarui lot
   in parte. Nr. de runde: 1, durata: 1 zi (24 ore). Licitatia electronica
   poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu.
   Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: nu. Licitatia se prelungeste
   automat, in cazul modificarii clasamentului: nu. Ofertantii pot vedea
   numarul de participanti inscrisi la licitatie: da. Se va folosi pasul
   de licitare: nu.
   IV.3)Informaii administrative
   IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
   contractant:
   IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
   nu
   IV.3.3)Condiii de obinere a caietului de sarcini i a documentelor
   suplimentare sau a documentului descriptiv
   Termen limit pentru primirea cererilor de documente sau de acces la
   documente: 16.2.2016 - 15:00
   Documente contra cost: nu
   IV.3.4)Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
   participare
   22.2.2016 - 10:00
   IV.3.5)Data expedierii invitaiilor de prezentare de oferte sau de
   participare ctre candidaii selectai
   IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactat oferta sau cererea
   de participare
   român.
   IV.3.7)Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s îi
   menin oferta
   în zile: 90 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
   IV.3.8)Condiii de deschidere a ofertelor
   Data: 22.2.2016 - 10:30
   Locul:
   Serviciul Licitatii  Pavilionul Pediatrie.
   Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: da
   Informaii suplimentare despre persoanele autorizate i procedura de
   deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
   Seciunea VI: Informaii complementare
   VI.1)Informaii privind periodicitatea
   Aceast achiziie este periodic: nu
   VI.2)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
   Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
   ale Uniunii Europene: nu
   VI.3)Informaii suplimentare
   In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform
   criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau
   mai multe oferte pe locul 1 cu pret egal, autoritatea contractanta va
   solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare
   transmisa prin fax, o noua propunere financiara in plic inchis pe baza
   careia vor fi departajati. Ptr. locurile 2 si 3 cu acelasi pret, modul
   de departajare a acestora se va face prin solicitarea unei propuneri
   financiare in plic inchis, astfel incat ofertantii clasati pe locurile
   de mai sus sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa
   nu fie egala sau mai mica decat ofertele clasate pe locul I/II (in
   cazul egalitatii de pret la ofertantii clasati pe locul III).
   Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului  pretul cel mai
   scazut. In cazul in care egalitatea de pret se mentine si dupa
   reofertare, va fi declarat castigator ofertantul a carui oferta a avut
   pretul cel mai scazut la sedinta de deschidere. Contractele subsecvente
   se atribuie numai prin reofertare, obiectul reluarii competitiei il
   constituie pretul, restul conditiilor raman neschimbate, cu respectarea
   prevederilor art. 69 si art. 70 din HG 925/2006 (conform model
   acord-cadru obligatiile promitentului-achizitor pct. 3.3).
   Nota: Prezentul acord cadru inceteaza de drept, pentru acele produse
   licitate si adjudecate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii
   desemnat ca unitate de achizitii centralizata conform OUG nr. 71 /2012
   si a Ordinului nr. 1292/18.12.2012 aferent, si care sunt cuprinse in
   prezentul acord-cadru.
   VI.4)Ci de atac
   VI.4.1)Organismul competent pentru cile de atac
   Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   030084 Bucuresti
   ROMÂNIA
   E-mail: [10]office@cnsc.ro
   Telefon: +40 213104641
   Adres Internet: [11]http://www.cnsc.ro
   Fax: +40 213104642 / 218900745
   VI.4.2)Utilizarea cilor de atac
   Precizri privind termenele limit de exercitare a cilor de atac: Art.
   256*2 din OUG nr. 34/2006.
   VI.4.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
   cilor de atac
   Serviciul Juridic
   Str. Spiru Haret nr. 2-4
   600114 Bacau
   ROMÂNIA
   Telefon: +40 34515184
   Fax: +40 34515184
   VI.5)Data expedierii prezentului anun:
   8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Führerscheine - PL-Jaworzno
Führerscheine
Passierscheine
Spezial-Druckerzeugnisse
Druckereidienste
Dokument Nr...: 9573-2016 (ID: 2016011309051347205)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  PL-Jaworzno: Führerscheine
   2016/S 8/2016 9573
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gmina Miasta Jaworzno, Urzd Miejski w Jaworznie
   ul. Grunwaldzka 33
   Zu Händen von: Mariusz Rosiak
   43-600 Jaworzno
   POLEN
   Telefon: +48 326181586
   E-Mail: [4]zamowienia@um.jaworzno.pl
   Fax: +48 326181501
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.jaworzno.pl
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   22454000, 22456000, 22458000, 79810000
   Beschreibung
   Führerscheine.
   Passierscheine.
   Spezial-Druckerzeugnisse.
   Druckereidienste.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 500 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A.
   ul. Sanguszki 1
   00-222 Warszawa
   POLEN
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 220 000 PLN
   ohne MwSt
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 1 500 000 PLN
   mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
   4. mailto:zamowienia@um.jaworzno.pl?subject=TED
   5. http://www.jaworzno.pl/
OT: 13/01/2016    S8    - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
   Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
   Polska-Jaworzno: Prawa jazdy
   2016/S 008-009573
   Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
   Dostawy
   Dyrektywa 2004/18/WE
   Sekcja I: Instytucja zamawiajca
   I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
   Gmina Miasta Jaworzno, Urzd Miejski w Jaworznie
   ul. Grunwaldzka 33
   Osoba do kontaktów: Mariusz Rosiak
   43-600 Jaworzno
   POLSKA
   Tel.: +48 326181586
   E-mail: [6]zamowienia@um.jaworzno.pl
   Faks: +48 326181501
   Adresy internetowe:
   Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.jaworzno.pl
   I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
   Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
   I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
   Ogólne usugi publiczne
   I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
   Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
   zamawiajcych: nie
   Sekcja II: Przedmiot zamówienia
   II.1)Opis
   II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
   Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów
   rejestracyjnych pojazdu, nalepek legalizacyjnych do tablic
   rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe,
   pozwole czasowych, pozwole czasowych badawczych, kart pojazdu,
   pozwole na kierowanie tramwajem oraz wykonanie praw jazdy  w okresie
   od 1.1.201631.12.2017 r.
   II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
   realizacji dostawy lub wiadczenia usug
   Dostawy
   Kupno
   Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
   dostawy lub wiadczenia usug: Jaworzno.
   Kod NUTS PL22
   II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
   zakupów (DSZ)
   II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
   Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów
   rejestracyjnych pojazdu, nalepek legalizacyjnych do tablic
   rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe,
   pozwole czasowych, pozwole czasowych badawczych, kart pojazdu,
   pozwole na kierowanie tramwajem oraz wykonanie praw jazdy  w okresie
   od 1.1.201631.12.2017 r.
   II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
   22454000, 22456000, 22458000, 79810000
   II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA)
   Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
   (GPA): tak
   II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
   Warto: 1 500 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   Sekcja IV: Procedura
   IV.1)Rodzaj procedury
   IV.1.1)Rodzaj procedury
   Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia o zamówieniu
   w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w
   sekcji 2 w zaczniku D1)
   Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
   o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
   Dyrektywa 2004/18/WE
   1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
   publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
   dyrektywy 2004/18/WE
   Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedur
   ograniczon
   Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
   tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
   zwizanych z ochron wycznych praw
   2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji
   ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
   Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
   Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie jest jedynym
   podmiotem na rynku, który ma stosowne uprawnienia do wytwarzania i
   dystrybucji dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy. W zwizku z
   powyszym przy udzieleniu zamówienia publicznego naley zastosowa tryb
   zamówienia z wolnej rki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b)
   ustawy Prawo zamówie publicznych, który stanowi, i zamawiajcy moe
   udzieli zamówienia z wolnej rki, jeeli dostawy, usugi lub roboty
   budowlane mog by wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn
   zwizanych z ochron praw wycznych, wynikajcych z odrbnych
   przepisów.
   IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
   IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
   Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
   IV.3)Informacje administracyjne
   IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
   BZ.271.92.2015
   IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
   nie
   Sekcja V: Udzielenie zamówienia
   V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
   28.12.2015
   V.2)Informacje o ofertach
   Liczba otrzymanych ofert: 1
   V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
   udzieleniu zamówienia
   Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A.
   ul. Sanguszki 1
   00-222 Warszawa
   POLSKA
   V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
   Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
   Warto: 1 220 000 PLN
   Bez VAT
   Cakowita kocowa warto zamówienia:
   Warto: 1 500 000 PLN
   cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
   V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
   Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
   Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
   VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
   Europejskiej: nie
   VI.2)Informacje dodatkowe:
   VI.3)Procedury odwoawcze
   VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczwej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   POLSKA
   VI.3.2)Skadanie odwoa
   Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: rodki Ochrony
   Prawnej przysuguj wykonawcom zgodnie z Dziaem VI ustawy z 29
   stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015
   r., nr poz. 2164).
   VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
   odwoa
   Prezes Krajowej Izby Odwoawczwej
   ul. Postpu 17a
   02-676 Warszawa
   VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Peripheriegeräte - BG-Sofia
Peripheriegeräte
Drucker und Plotter
Flashspeicher
Glasfaserkabel für die Datenübertragung
Dokument Nr...: 9673-2016 (ID: 2016011309063047314)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  BG-Sofia: Peripheriegeräte
   2016/S 8/2016 9673
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Darzhavna agentsiya Natsionalna sigurnost
   bul. Cherni vrah No. 45
   Zu Händen von: Ivan Marinov
   1407 Sofiya
   BULGARIEN
   Telefon: +359 28147750
   Fax: +359 28147753
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.dans.bg
   Adresse des Beschafferprofils:
   [5]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
   Elektronischer Zugang zu Informationen:
   [6]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/6
   16-616-vu-14-09-2015-art-bul
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   30232000, 30232100, 30234600, 32562300
   Beschreibung
   Peripheriegeräte.
   Drucker und Plotter.
   Flashspeicher.
   Glasfaserkabel für die Datenübertragung.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 19 215,50 BGN
   ohne MwSt
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: -18-753 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
      ,  121814067
   .   24
   1517 
   BULGARIEN
   E-Mail: [7]sbs@sbs.bg
   Telefon: +359 291945
   Internet-Adresse: [8]www.sbs.bg
   Fax: +359 291945
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 215,50 BGN
   ohne MwSt
References
   4. http://www.dans.bg/
   5. http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
   6. http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/616-616-vu-14-09-2015-art-bul
   7. mailto:sbs@sbs.bg?subject=TED
   8. http://www.sbs.bg/
OT: 13/01/2016    S8    - -  -      -
    
   -:  
   2016/S 008-009673
      
   
    2004/18/
    :  
   I.1),   /  
      
   129009710
   .    45
     :  
   1407 
   
   : +359 28147750
      : [6]dans@dans.bg
   : +359 28147753
    /:
        : [7]www.dans.bg
       :
   [8]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
      :
   [9]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/6
   16-616-vu-14-09-2015-art-bul
   I.2)   
          ,
        
   I.3) 
   :  
   I.4)        
            :
   
    :   
   II.1)
   II.1.1)  
             
          
   .
   II.1.2)        , 
          
   
   
          ,  
         : . , .
      45.
    NUTS BG411
   II.1.3)     
      ()
   II.1.4)     /
           
        ,    
       1    .
   II.1.5)O   (CPV)
   30232000, 30232100, 30234600, 32562300
   II.1.6)      (GPA)
   II.2)    /
   II.2.1)    /
   : 19 215,50 BGN
       
    V: 
   IV.1) 
   IV.1.1) 
   
   IV.2)  
   IV.2.1)  
   - 
   IV.2.2)   
      : 
   IV.3) 
   IV.3.1)   ,    
   IV.3.2)    
     
         : [10]2015/S 182-329118  19.9.2015
    V:   
    : -18-753   : 2 -   
   :    5      
    
   V.1)      :
   19.11.2015
   V.2)  
      : 5
   V.3)     ,    
        
      ,  121814067
   .   24
   1517 
   
      : [11]sbs@sbs.bg
   : +359 291945
    : [12]www.sbs.bg
   : +359 291945
   V.4)    
        :
   : 19 215,50 BGN
       
   V.5)    /
          /: 
    V:  
   VI.1)     
         / , / 
      : 
   VI.2) :
   VI.3)  
   VI.3.1),      
       
   .   18
   1000 
   
      : [13]cpcadmin@cpc.bg
   : +359 29884070
    : [14]http://www.cpc.bg
   : +359 29807315
   VI.3.2)  
   VI.3.3),        
     
   VI.4)     :
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Busse für den öffentlichen Verkehr - DE-Neckartenzlingen
Busse für den öffentlichen Verkehr
Dokument Nr...: 973-2016 (ID: 2016010209343238261)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
  DE-Neckartenzlingen: Busse für den öffentlichen Verkehr
   2016/S 1/2016 973
   Auftragsbekanntmachung  Versorgungssektoren
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/17/EG
   Abschnitt I: Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Haussmann & Bauer Omnibusverkehr GmbH & Co. KG
   Robert-Bosch-Straße 17
   Zu Händen von: Frau Nicole Gölzenleuchter-Bauer
   72654 Neckartenzlingen
   DEUTSCHLAND
   Telefon: +49 712732288
   E-Mail: [6]info@haussmann-bauer-reisen.de
   Fax: +49 712721714
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.haussmann-bauer-reisen.de
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.2)Haupttätigkeit(en)
   Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
   I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
   Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
   Busbeschaffung 2016.
   II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
   Dienstleistung
   Lieferauftrag
   Kauf
   NUTS-Code DE,DE113
   II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
   zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
   Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
   II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
   II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
   Beschaffung eines Omnibusses mit Niederflur- bzw. Low-Entry-Technik
   nach GVFG Baden-Württemberg, 12 m oder größer, Euro 6.
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   34121100
   II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
   II.1.8)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
   II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
   II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
   1 Omnibus mit Nierderflur- bzw. Low-Entry-Technik min. 12 m, Euro 6.
   II.2.2)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Bedingungen für den Auftrag
   III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
   III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
   Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
   III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
   wird:
   III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
   Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
   III.2)Teilnahmebedingungen
   III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
   III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
   III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Verfahrensart
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.2)Zuschlagskriterien
   IV.2.1)Zuschlagskriterien
   das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
   in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
   oder zur Verhandlung aufgeführt sind
   IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
   Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
   IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
   nein
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen (außer DBS)
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 29.1.2016
   Kostenpflichtige Unterlagen: nein
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   15.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Deutsch.
   IV.3.6)Bindefrist des Angebots
   IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
   aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
   Angabe der Vorhaben und/oder Programme: GVFG Baden-Württemberg.
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer Baden-Württemberg
   Schloßplatz 1-3
   76247 Karlsruhe
   DEUTSCHLAND
   VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   30.12.2015
References
   6. mailto:info@haussmann-bauer-reisen.de?subject=TED
   7. http://www.haussmann-bauer-reisen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - ES-Madrid
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 9773-2016 (ID: 2016011309075147416)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  ES-Madrid: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
   2016/S 8/2016 9773
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Lieferauftrag
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario
   y Formación para el Empleo
   Cedaceros, 11, 4ª planta
   Kontaktstelle(n): Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
   Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
   28014 Madrid
   SPANIEN
   Telefon: +34 915242922
   E-Mail: [4]tpfe@dgip.mir.es
   Fax: +34 914201091
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tpfe.es
   Adresse des Beschafferprofils:
   [6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   15000000
   Beschreibung
   Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse.
   II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
   II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
   Wert: 1 813 901,05 EUR
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 64 710,05 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 63 173,06 EUR
   Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 214 592,9 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 186 077,65 EUR
   Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 41 632,06 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 24 835,84 EUR
   Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 329 329 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 314 563,48 EUR
   Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Plataforma Femar, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 21 180,75 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 22 481,25 EUR
   Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 109 800,32 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 107 180,08 EUR
   Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 141 535,35 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 144 448,55 EUR
   Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 33 008,11 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 27 139,44 EUR
   Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 118 573 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 93 109,12 EUR
   Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Frutas y Verd Massanassa, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 35 227,5 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 30 974,58 EUR
   Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 50 199,75 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 42 488,68 EUR
   Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 12
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Plataforma Femar, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 145 770,15 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 121 201,08 EUR
   Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 13
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Fruticolas Ateca, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 58 377 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 57 902,57 EUR
   Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 14
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 47 884,85 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 37 251,77 EUR
   Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 15
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Acacio, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 251 059,83 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 212 234,2 EUR
   Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 16
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 14 863,5 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 13 927,65 EUR
   Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 18
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Acacio, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 185 961,2 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 179 348,4 EUR
   Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 19
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 19 074,59 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 17 348,51 EUR
   Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 20
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Acacio, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 75 175,15 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 60 084,39 EUR
   Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 21
   V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Frutas y Verd Massanassa, S.L.
   V.4)Angaben zum Auftragswert
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
   Wert: 73 569,98 EUR
   Endgültiger Gesamtauftragswert:
   Wert: 58 130,75 EUR
References
   4. mailto:tpfe@dgip.mir.es?subject=TED
   5. http://www.tpfe.es/
   6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
OT: 13/01/2016    S8    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
   contrato - Procedimiento abierto
   España-Madrid: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
   2016/S 008-009773
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Suministros
   Directiva 2004/18/CE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
   Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario
   y Formación para el Empleo
   Cedaceros, 11, 4ª planta
   Punto(s) de contacto: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
   Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
   28014 Madrid
   ESPAÑA
   Teléfono: +34 915242922
   Correo electrónico: [6]tpfe@dgip.mir.es
   Fax: +34 914201091
   Direcciones Internet:
   Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.tpfe.es
   Dirección del perfil de comprador:
   [8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
   I.2)Tipo de poder adjudicador
   Organismo de Derecho público
   I.3)Principal(es) actividad(es)
   Orden público y seguridad
   I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
   Apartado II: Objeto del contrato
   II.1)Descripción
   II.1.1)Denominación del contrato
   Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
   los Centros Penitenciarios de Albacete, Alcazar, Herrera, Ocaña I y
   Ocaña II.
   II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
   o de ejecución
   Suministros
   Adquisición
   Código NUTS ES
   II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
   adquisición
   II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
   adquisiciones)
   Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
   los Centros Penitenciarios de Albacete, Alcazar, Herrera, Ocaña I y
   Ocaña II.
   II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
   15000000
   II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   II.2)Valor total final del contrato o contratos
   II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
   Valor: 1 813 901,05 EUR
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Tipo de procedimiento
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Abierto
   IV.2)Criterios de adjudicación
   IV.2.1)Criterios de adjudicación
   IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
   IV.3)Información administrativa
   IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
   expediente
   2015/00012
   IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
   Anuncio de licitación
   Número de anuncio en el DOUE: [9]2015/S 148-273122 de 4.8.2015
   Apartado V: Adjudicación del contrato
   Contrato Nº: 1 Lote Nº: 1 - Denominación: Aceites
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 8
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 64 710,05 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 63 173,06 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 2 Lote Nº: 2 - Denominación: Aves-caza fresca
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 214 592,9 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 186 077,65 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 3 Lote Nº: 3 - Denominación: Bollería
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 41 632,06 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 24 835,84 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 4 Lote Nº: 4 - Denominación: Carne Fresca
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 329 329 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 314 563,48 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 5 Lote Nº: 5 - Denominación: Café
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Plataforma Femar, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 21 180,75 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 22 481,25 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 6 Lote Nº: 6 - Denominación: Conservas
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 109 800,32 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 107 180,08 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 7 Lote Nº: 7 - Denominación: Embutido-charcutería
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Ramiro Jaquete, S.A.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 141 535,35 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 144 448,55 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 8 Lote Nº: 8 - Denominación: Especias, caldos y
   condimentos
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 5
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Aceites Málaga, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 33 008,11 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 27 139,44 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 9 Lote Nº: 9 - Denominación: Frutas
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 118 573 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 93 109,12 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 10 Lote Nº: 10 - Denominación: Huevos
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Frutas y Verd Massanassa, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 35 227,5 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 30 974,58 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 11 Lote Nº: 11 - Denominación: Legumbres y arroz
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 50 199,75 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 42 488,68 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 12 Lote Nº: 12 - Denominación: Leche
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 6
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Plataforma Femar, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 145 770,15 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 121 201,08 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 13 Lote Nº: 13 - Denominación: Postres lácteos
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 3
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Fruticolas Ateca, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 58 377 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 57 902,57 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 14 Lote Nº: 14 - Denominación: Productos en porciones
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 5
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 47 884,85 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 37 251,77 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 15 Lote Nº: 15 - Denominación: Precocinados
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Acacio, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 251 059,83 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 212 234,2 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 16 Lote Nº: 16 - Denominación: Pastas y sopas
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 6
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 14 863,5 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 13 927,65 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 18 Lote Nº: 18 - Denominación: Pescado ultracongelado
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Acacio, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 185 961,2 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 179 348,4 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 19 Lote Nº: 19 - Denominación: Salsas de mesa y varios
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 4
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Hermanos Vidal, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 19 074,59 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 17 348,51 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 20 Lote Nº: 20 - Denominación: Verdura congelada
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Acacio, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 75 175,15 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 60 084,39 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Contrato Nº: 21 Lote Nº: 21 - Denominación: Verdura y hortalizas
   frescas
   V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
   24.11.2015
   V.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 2
   V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
   el contrato
   Frutas y Verd Massanassa, S.L.
   V.4)Información sobre el valor del contrato
   Valor total estimado inicial del contrato:
   Valor: 73 569,98 EUR
   Valor total final del contrato:
   Valor: 58 130,75 EUR
   V.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
   VI.2)Información adicional:
   VI.3)Procedimientos de recurso
   VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   VI.3.2)Presentación de recursos
   VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
   de recursos
   VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kommunale Dienstleistungen - FR-Besançon
Kommunale Dienstleistungen
Dokument Nr...: 9873-2016 (ID: 2016011309091047504)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  FR-Besançon: Kommunale Dienstleistungen
   2016/S 8/2016 9873
   Région Franche-Comté, 4 square Castan, Zu Händen von: Mme la
   présidente, Besançon Cedex 25031, FRANKREICH. Telefon: +33 381616161.
   Fax: +33 381831292
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 18.11.2015, [1]2015/S
   223-406797)
   Betr.:
   CPV:75200000
   Kommunale Dienstleistungen
   Anstatt:
   V.1) Date d'attribution du marché:
   25.10.2015
   V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué:
   Kaméléon Prod
   2C chemin de Palente
   25000 Besançon
   FRANCE
   Téléphone: +33 950030472
   V.4) Informations sur le montant du marché:
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 42 200 EUR
   muss es heißen:
   V.1) Date d'attribution du marché:
   4.11.2015
   V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué:
   Livdeo (mandataire)
   2 Grande Rue
   70190 Bussières
   Cotraitants: Héritage virtuel (25 000 Besançon), Digital Media
   Productions (25 130 Villers-le-Lac).
   V.4) Informations sur le montant du marché:
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 42 400 EUR.
References
   1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406797-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016    S8    - - Services - Informations complémentaires -
   Procédure ouverte
   France-Besançon: Prestations de services pour la collectivité
   2016/S 008-009873
   Région Franche-Comté, 4 square Castan, À l'attention de: Mme la
   présidente, Besançon Cedex 25031, FRANCE. Téléphone: +33 381616161.
   Fax: +33 381831292
   (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.11.2015,
   [1]2015/S 223-406797)
   Objet:
   CPV:75200000
   Prestations de services pour la collectivité
   Au lieu de:
   V.1) Date d'attribution du marché:
   25.10.2015
   V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué:
   Kaméléon Prod
   2C chemin de Palente
   25000 Besançon
   FRANCE
   Téléphone: +33 950030472
   V.4) Informations sur le montant du marché:
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 42 200 EUR
   Lire:
   V.1) Date d'attribution du marché:
   4.11.2015
   V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
   attribué:
   Livdeo (mandataire)
   2 Grande Rue
   70190 Bussières
   Cotraitants: Héritage virtuel (25 000 Besançon), Digital Media
   Productions (25 130 Villers-le-Lac).
   V.4) Informations sur le montant du marché:
   Valeur totale finale du marché:
   Valeur: 42 400 EUR.
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von elektrischen Leitungen - UK-Lincoln
Installation von elektrischen Leitungen
Dokument Nr...: 9973-2016 (ID: 2016011309095647601)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
  UK-Lincoln: Installation von elektrischen Leitungen
   2016/S 8/2016 9973
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2004/18/EG
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
   City of Lincoln Council
   City Hall, Beaumont Fee
   Zu Händen von: Heather Carmichael
   LN1 1DD Lincoln
   VEREINIGTES KÖNIGREICH
   Telefon: +44 1522873309
   E-Mail: [4]heather.carmichael@lincoln.gov.uk
   Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
   Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
   für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
   verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
   Kontaktstellen
   Abschnitt II: Auftragsgegenstand
   II.1)Beschreibung
   II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
   45310000
   Beschreibung
   Installation von elektrischen Leitungen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.3)Verwaltungsangaben
   IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
   Unterlagen bzw. der Beschreibung
   Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
   Einsichtnahme: 29.1.2016 - 12:00
   IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   11.2.2016 - 12:00
   IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   verfasst werden können
   Englisch.
References
   4. mailto:heather.carmichael@lincoln.gov.uk?subject=TED
OT: 13/01/2016    S8    - - Services - Contract notice - Restricted
   procedure
   United Kingdom-Lincoln: Electrical installation work
   2016/S 008-009973
   Contract notice
   Services
   Directive 2004/18/EC
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name, addresses and contact point(s)
   City of Lincoln Council
   City Hall, Beaumont Fee
   For the attention of: Heather Carmichael
   LN1 1DD Lincoln
   UNITED KINGDOM
   Telephone: +44 1522873309
   E-mail: [6]heather.carmichael@lincoln.gov.uk
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact
   point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for
   competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
   from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
   contact point(s)
   I.2)Type of the contracting authority
   Regional or local authority
   I.3)Main activity
   General public services
   I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
   authorities: no
   Section II: Object of the contract
   II.1)Description
   II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
   Electric Services.
   II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
   performance
   Services
   Service category No 26: Recreational, cultural and sporting services
   NUTS code UKF3
   II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
   dynamic purchasing system (DPS)
   The notice involves a public contract
   II.1.4)Information on framework agreement
   II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
   Electrical installation work. To provide electrical services for
   various corporate events held by the City of Lincoln Council in
   particular Christmas Lights and Christmas Market.
   II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
   45310000
   II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   II.1.8)Lots
   II.1.9)Information about variants
   II.2)Quantity or scope of the contract
   II.2.1)Total quantity or scope:
   The contract will be for a period of 3 years commencing 1.8.2016. There
   will also be the option to extend for a further 3 year period to
   31.7.2022.
   Estimated value excluding VAT:
   Range: between 500 000 and 700 000 GBP
   II.2.2)Information about options
   Options: no
   II.2.3)Information about renewals
   II.3)Duration of the contract or time limit for completion
   Section III: Legal, economic, financial and technical information
   III.1)Conditions relating to the contract
   III.1.1)Deposits and guarantees required:
   III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
   reference to the relevant provisions governing them:
   III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
   whom the contract is to be awarded:
   III.1.4)Other particular conditions
   The performance of the contract is subject to particular conditions: no
   III.2)Conditions for participation
   III.2.1)Personal situation of economic operators, including
   requirements relating to enrolment on professional or trade registers
   Information and formalities necessary for evaluating if the
   requirements are met: The Authority will apply all the offences listed
   in Article 45(1) of Directive 2004/18/EC (implemented as Regulation
   23(1) of the Public Contract Regulations (PCR) 2006 in the UK) and all
   of the professional misconducts listed at Article 45(2) of Directive
   2004/18/EC (see also Regulation 23(2) in the PCR 2006) to the decision
   of whether a Candidate is eligible to be invited to tender.
   A full list of the Regulation 23(1) and 23(2) criteria are at
   [7]http://www.delta-esourcing.com/delta/project/reasonsForExclusion.htm
   l#pcr
   Candidates will be required to answer these questions as part of the
   qualification process. For candidates who are registered overseas, you
   will need to declare if you have any offences/misconduct under your own
   countries laws, where these laws are equivalent to the Regulation 23
   lists.
   Candidates who have been convicted of any of the offences under Article
   45(1) are ineligible and will not be selected to bid, unless there are
   overriding requirements in the general interest for doing so.
   Candidates who are guilty of any of the offences, circumstances or
   misconduct under Article 45(2) may be excluded from being selected to
   bid at the discretion of the Authority.
   III.2.2)Economic and financial ability
   III.2.3)Technical capacity
   III.2.4)Information about reserved contracts
   III.3)Conditions specific to services contracts
   III.3.1)Information about a particular profession
   Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
   Legal persons should indicate the names and professional qualifications
   of the staff responsible for the execution of the service: no
   Section IV: Procedure
   IV.1)Type of procedure
   IV.1.1)Type of procedure
   Restricted
   IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
   tender or to participate
   IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
   dialogue
   IV.2)Award criteria
   IV.2.1)Award criteria
   The most economically advantageous tender in terms of the criteria
   stated in the specifications, in the invitation to tender or to
   negotiate or in the descriptive document
   IV.2.2)Information about electronic auction
   An electronic auction will be used: no
   IV.3)Administrative information
   IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
   CM12012016E
   IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
   no
   IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
   or descriptive document
   Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
   documents: 29.1.2016 - 12:00
   Payable documents: no
   IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
   11.2.2016 - 12:00
   IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
   selected candidates
   IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
   drawn up
   English.
   IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
   tender
   IV.3.8)Conditions for opening of tenders
   Section VI: Complementary information
   VI.1)Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
   VI.2)Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   VI.3)Additional information
   The contracting authority considers that this contract may be suitable
   for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs).
   However, any selection of tenderers will be based solely on the
   criteria set out for the procurement.
   For more information about this opportunity, please visit the Delta
   eSourcing portal at:
   [8]https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Lincoln:-Electrical-in
   stallation-work./3QGPWGYPKF
   To respond to this opportunity, please click here:
   [9]https://www.delta-esourcing.com/respond/3QGPWGYPKF
   GO Reference: GO-2016111-PRO-7560793.
   VI.4)Procedures for appeal
   VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
   VI.4.2)Lodging of appeals
   VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
   be obtained
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau