(1) Searching for "2016010209261037365" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Gebäudereinigung - GR-Alexandropolis
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 10073-2016 (ID: 2016011309111047712)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
GR-Alexandropolis: Gebäudereinigung
2016/S 8/2016 10073
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Panepistimiako Geniko Nosokomeio Ebroy Nosileytiki Monada,
Panepistimiako Geniko Nosokomeio Alexandroypolis
Dragana Alexandroypolis
Kontaktstelle(n): Panepistimiako Geniko Nosokomeio Ebroy Nosileytiki
Monada, Panepistimiako Geniko Nosokomeio Alexandroypolis
Zu Händen von: Paylos Eleytheriadis
681 00 Alexandroypoli
GRIECHENLAND
Telefon: +30 2551353423
Fax: +30 2551353409
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.pgna.gr
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90911200
Beschreibung
Gebäudereinigung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 11.2.2016 - 15:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
11.2.2016 - 15:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Griechisch.
References
4. http://www.pgna.gr/
OT: 13/01/2016 S8 - - - -
-:
2016/S 008-010073
2004/18/
I:
I.1),
,
GR
() :
,
:
681 00
: +30 2551353423
: [6]pelefteriadis@pgna.gr
: +30 2551353409
(-) :
: [7]http://www.pgna.gr
: ()
(-) (-)
(
) : () (-) (-)
: ()
(-) (-)
I.2)
I.3)
I.4)
:
II:
II.1)
II.1.1) :
...
,
.
II.1.2) ,
: 14:
NUTS GR111
II.1.3) ,
()
II.1.4)
II.1.5)
...
,
.
II.1.6) (CPV)
90911200
II.1.7) (GPA)
II.1.8)
:
II.1.9)
:
II.2)
II.2.1) :
1 .
: 1 138 211,37 EUR
II.2.2)
:
II.2.3)
:
II.3)
: 12 ( )
III: , ,
III.1)
III.1.1) :
) 2 %
) 5 %
(
157 .4281/2014).
III.1.2) /
:
, (EUR),
.
.
) .
) .
) & ,
,
.
, ,
:
1 , .
& (.3 . 3580/07 ( 134 /18-06-2007)
. 24 3846/2010 ( 66 /11-05-2010) . 77 .1
3918/2011 ( 31/02-03-2011): 2 %
2
0,10 % (. 4
4013/2011, 204/' /15-09-2011)
3 % ( 20 % ). 0,10 %
. 55 . 2238/94 ( 151/16-09-1994)
2992/2002 ( 54/20-03-2002):
8 % .
(...)
.
6.2. : (60) ,
.
6.3
35 ... (.. 118/2007)
.... (
..).
6.4
, - ,
.
6.5 )
, )
,
, )
35 . 7 .. 118/2007. ,
,
(
,
..
III.1.3)
:
:
) .
) .
) , .
) .
) /
.
.
III.1.4)
:
III.2)
III.2.1) ,
: 2. . 4 8
. 1599/1986 (75), ,
,
, :
)
(1) . . 2 6
.. 118/07, :
) , 2
1 98/773/ (EE L 351
29.1.1998, . 1),
ii) , 3
26 1997 (EE C 195 25.6.1997, . 1)
3 1 98/742/ (EE
L 358 31.12.1998, . 2),
iii) , 1
(EE C
316 27.11.1995, . 48),
iv) ,
1 91/308/EOK , 10 1991,
(EE L 166
28.6.1991, . 77 ,
2001/97/ , EE L 344
28.12.2001, . 76) . 2331/1995 ( 173)
. 3424/2005 ( 305),
v) , , ,
, ,
.
vi) :
30 . 7, 9, 11, 12 14.
31 . 4, 5 6.
32 . 4 5.
35 . 5 ,
.
.
,
:
) , ., . ...
) .. ,
..
) , .
)
.
) ,
, ,
.
3. . 4 8 . 1599/1986 (75),
,
,
, :
. (2) .
. 2 6 .. 118/07 , .:
, ,
.
.
. . (2) .
. 2 6 .. 118/07 , .
.. 2190/1920, ,
( ) ,
,
( ).
. , ,
.
.
. ,
( ),
,
.
. ,
( ),
,
,
, (
).
,
,
,
,
,
, .
.
' ..60/2007
.
.
, 18, 34 39 .. 118/07
.
. .99 .3588/2007
(153).
. ( ).
.
/
. 2 3 6 .. 118/07,
, 20
.
,
.
.
4. ,
«» « » ( 22, . 2
.4144/2013).
5. . :
,
:
.. ... :
/
(
4.4.2011,
...
),
.
/
(
4.4.2011,
...
),
( - ...)
.
( ...)
( ).
(...)
4/4/2011,
...
.
., .. :
,
.
( ).
4/4/2011,
... .
,
,
,
.
, .
.
, ,
.
,
.pdf (
) (3)
, .
.
,
,
,
.
.
III.2.2)
:
. (2) . . 2 6 .. 118/07
, . .. 2190/1920,
, (
) , ,
( ).
. , ,
.
.
. ,
( ),
,
.
III.2.3)
:
,
( ),
,
,
, (
).
,
,
,
,
,
, .
III.2.4)
III.3)
III.3.1)
:
III.3.2)
IV:
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
:
2/16
IV.3.2)
. : [8]2015/S 220-401352 13.11.2015
IV.3.3)
: 11.2.2016 - 15:00
:
IV.3.4)
11.2.2016 - 15:00
IV.3.5)
IV.3.6)(-) () (-)
.
IV.3.7)
: 180 ( )
IV.3.8)
: 12.2.2016
:
... .
:
: .
VI:
VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.4)
VI.4.1)
681 00
: +30 2551353423
: +30 2551353409
VI.4.2)
( )
:
15 .. 118/2007
.3886/30-9-2010
.pdf .
, .
.
, ,
.pdf (3)
( )
. 3943/2011 ( //66/31-3-11)
« » 1163/3-7-13 ( 1675//2013)
.
/
,
.
VI.4.3)
681 00
: +30 2551353423
: +30 2551353409
VI.5) :
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Öffentlicher Verkehr (Straße) - FI-Tammela
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 10173-2016 (ID: 2016011309125847828)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
FI-Tammela: Öffentlicher Verkehr (Straße)
2016/S 8/2016 10173
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Tammelan kunta
Hakkapeliitantie 2
Kontaktstelle(n): Sivistyspalvelut
Zu Händen von: Mari Haapanen
FI-31300 Tammela
FINNLAND
Telefon: +358 034120400
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.tammela.fi
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60112000
Beschreibung
Öffentlicher Verkehr (Straße).
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
12.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Finnisch.
References
4. http://www.tammela.fi/
OT: 13/01/2016 S8 - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely
Suomi-Tammela: Joukkoliikennepalvelut maanteitse
2016/S 008-010173
Hankintailmoitus
Palvelut
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Tammelan kunta
Hakkapeliitantie 2
Yhteyspiste(et): Sivistyspalvelut
Vastaanottaja: Mari Haapanen
FI-31300 Tammela
SUOMI
Puhelin: +358 034120400
Internet-osoite (-osoitteet):
Hankintaviranomaisen yleisosoite: [6]http://www.tammela.fi
Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu
yhteyspiste/yhteyspisteet
Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös
kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää
koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
puolesta: ei
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tammelan kunnan palveluliikenne.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 2: Maakuljetuspalvelut [2], myös
panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut, paitsi postinkuljetus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tammelan kunta.
NUTS-koodi FI184
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tammelan kunnan alueella ajettava palveluliikenne on ostoliikennettä,
jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa käytetty ajoneuvo
valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten
asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Reittiin voidaan tehdä poikkeamia
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös
oppilaskuljetuksia sekä reittiliikenteenä ajettavia osuuksia.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
60112000
II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Kts. tarjouspyyntö.
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 1
Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista
tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
kuukautta: 12 (sopimuksen tekemisestä)
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Alkamispäivä 1.8.2016. Päättymispäivä 31.7.2017
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Liikennöitsijä sitoutuu antamaan ostajalle sopimuksen täyttämiseksi
pankkitakauksen tai muun ostajan hyväksymän vakuuden, joka on viisi (5)
prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
koskeviin määräyksiin:
Kts. tarjouspyyntö.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Kts. tarjouspyyntö.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Kts. tarjouspyyntö.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Kts. tarjouspyyntö.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Kts.
tarjouspyyntö.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä:
Kts. tarjouspyyntö.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien
henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä,
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Ennakkotietoilmoitus
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [7]2015/S 220-401177 , 13.11.2015
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
asti: 30.6.2016
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12.2.2016 - 12:00
Paikka: Tammelan kunta
Hakkapeliitantie 2
FI-31300 Tammela
SUOMI
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [8]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [9]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung - DE-Bonn
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
Dokument Nr...: 10273-2016 (ID: 2016011309134647920)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
DE-Bonn: Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
2016/S 8/2016 10273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
DEUTSCHLAND
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.ble.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Sonstige: Landwirtschaft und Ernährung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Untersuchung auf das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und verwandten
Verbindungen in Lebensmitteln.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 8: Forschung und Entwicklung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Bonn.
NUTS-Code DEA22
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Auftragsgegenstand ist die Durchführung einer wissenschaftlichen Studie
zum Thema Untersuchung auf das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und
verwandten Verbindungen in Lebensmitteln.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
73300000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Wissenschaftliche Qualität der angebotenen Leistung. Gewichtung 50
2. Preis (ohne USt.). Gewichtung 30
3. Angemessenheit von Personal- und Mitteleinsatz. Gewichtung 20
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
123-02.05-20.0147/15-I-D
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 182-330403 vom 19.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 123-02.05-20.0147/15-I-D Bezeichnung: Untersuchung auf
das Vorkommen von 3-MCPD-Estern und verwandten Verbindungen in
Lebensmitteln
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SGS Germany GmbH
Rödingsmarkt 16
20459 Hamburg
DEUTSCHLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes im Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die
Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit i. S. v. § 101b Abs. 1 GWB
endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Auftragsvergabe im
Amtsblatt der Europäischen Union.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
References
6. http://www.ble.de/
7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330403-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur- und Wartungsdienste - FR-Nantes
Reparatur- und Wartungsdienste
Dokument Nr...: 10373-2016 (ID: 2016011309144748028)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
FR-Nantes: Reparatur- und Wartungsdienste
2016/S 8/2016 10373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Nantes Métropole
Direction générale des ressources humaines, 2 cours du Champ de Mars
Zu Händen von: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 1
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50000000
Beschreibung
Reparatur- und Wartungsdienste.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2016-20900
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Association ATAO Pilote de missions d'insertion
7 Bis rue Jacques Cartier
44300 Nantes
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 210 EUR
ohne MwSt
References
4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
OT: 13/01/2016 S8 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Nantes: Services de réparation et d'entretien
2016/S 008-010373
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Nantes Métropole
Direction générale des ressources humaines, 2 cours du Champ de Mars
À l'attention de: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 1
FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Environnement
Affaires économiques et financières
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
Ville de Nantes
2 rue de l'Hôtel de Ville
44000 Nantes
FRANCE
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Prestations de services et de qualifications professionnelles:
entretien (contrôles et réglages) des vélos personnels des agents
signataires de la Charte vélo. Groupements de commandes Nantes
Métropole Ville de Nantes.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Nantes.
Code NUTS FR511
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché a pour objet des prestations de service d'insertion
et de qualifications professionnelles
activité support: mise en place de bons pour un entretien (contrôle et
réglage) des vélos personnel des
agents signataires de la charte vélo à l'atelier du titulaire ou sur
les sites d'embauche des agents et si
possible ainsi qu' une prestation de marquage du vélo personnel de
l'agent par un numéro de série
infalsifiable.
Le présent marché a pour objet l'insertion sociale et professionnelle
de personnes durablement exclues du
marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d'accès ou de
maintien dans l'emploi, de permettre à des
personnes bénéficiaires d'être accompagnées pour retrouver un
comportement au travail, acquérir des
savoir-faire et des savoir-être indispensables à la mise en uvre d'un
parcours d'insertion cohérent vers
l'emploi pérenne.
Nantes Métropole et la Ville de Nantes confieront au titulaire des
prestations d'appui et d'accompagnement à
l'emploi dans le cadre d'activités d'utilité sociale axées sur une
prestation relative au réglage et à l'entretien
des vélos personnels. Le titulaire devra fournir une prestation
d'entretien des vélos des agents via un bon
pour un contrôle technique annuel ainsi que le marquage du vélo
personnel de l'agent.
Le ou les candidats s'engage(nt) à accueillir des salariés conformément
aux postes conventionnés par le
comité Départemental d'insertion par l'activité Économique.
Ce marché prend la forme d'un marché à bon de commande.
En aucun cas, le montant du présent marché ne peut dépasser 50 000 EUR
HT.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50000000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Pertinence de la démarche d'insertion. Pondération 50
2. Qualité et pertinence des moyens que le candidat propose de mettre à
disposition pour la réalisation des travaux supports à l'insertion.
Pondération 20
3. Prix. Pondération 30
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15DRH001
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2016-20900 Intitulé: Entretien (contrôles et réglages) des
vélos personnels des agents signataires de la Charte vélo
V.1)Date d'attribution du marché:
4.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Association ATAO Pilote de missions d'insertion
7 Bis rue Jacques Cartier
44300 Nantes
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 4 210 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Modalités de consultation du marché auprès de:
Nantes Métropole
Service des marchés publics
11 avenue Carnot
44923 Nantes Cedex 9
Tel: 02.40.99.62.46
Fax: 02.40.99.62.40
Ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
44041 Nantes Cedex 1
E-mail: [7]greffe.ta.nantes@juradm.fr
Téléphone: +33 240994600
Adresse internet: [8]http://nantes.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 240994658
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
44041 Nantes Cedex 1
E-mail: [9]greffe.ta.nantes@juradm.fr
Téléphone: +33 240994600
Adresse internet: [10]http://nantes.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 240994658
VI.4)Date denvoi du présent avis:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Urheberrechtsberatung - UK-Preston
Urheberrechtsberatung
Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste
Juristische Beratung und Vertretung
Rechtsberatung und -auskunft
Dokument Nr...: 10473-2016 (ID: 2016011309153448129)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
UK-Preston: Urheberrechtsberatung
2016/S 8/2016 10473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
University of Central Lancashire
Purchasing Office, Sizer House
Kontaktstelle(n): etedners@uclan.ac.uk
PR1 2HE Preston
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1772892225
Fax: +44 1772892954
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79121000, 79130000, 79110000, 79140000
Beschreibung
Urheberrechtsberatung.
Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste.
Juristische Beratung und Vertretung.
Rechtsberatung und -auskunft.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: ITP15-19
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
HGF Ltd
Belgrave street
LS2 8DD Leeds
VEREINIGTES KÖNIGREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 300 000 GBP
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 3
References
4. https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
OT: 13/01/2016 S8 - - Services - Contract award notice - Open
procedure
United Kingdom-Preston: Copyright consultancy services
2016/S 008-010473
Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
University of Central Lancashire
Purchasing Office, Sizer House
Contact point(s): etedners@uclan.ac.uk
PR1 2HE Preston
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1772892225
Fax: +44 1772892954
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[6]https://in-tendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
The provision of Intellectual property and copyright services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 21: Legal services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
University of Central Lancashire.
NUTS code
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
The University of Central Lancashire wishes to invite tenders to supply
Intellectual property and copyright services to its Innovation and
Enterprise department. UCLan has been delivering a change program in
regards to the identification, protection and exploitation of its
Intellectual Property since mid-2012, which is supported by an
extensive University wide program of on and off line training.
This activity has seen a significant increase in the number of IP
disclosures and subsequent patent filings across a number of areas,
including: Biomedical Sciences, Electrical and Electronic Engineering,
Mechanical Engineering, Forensic Sciences, Nuclear Sciences, Materials
and Nano-Materials Technologies, Tribology Technologies, Pharmacy and
3D Printing Technologies. The University will be seeking to award a
single contractor for a duration of a 3 year period.
This is an Open EU procurement procedure, the ITT and full
specification and supporting documents can be downloaded by registering
and expressing your interest on the University's e-tendering system
[7]https://intendhost.co.uk/universitycentrallancs/aspx/Home
If you have any questions or comments in relation to this tender they
must be submitted via the In-tend portal. Completed tenders must be
returned through the same e-tendering system. The closing date for
return of the tender is 2.10.2015 at 12 noon (UK time).
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
79121000, 79130000, 79110000, 79140000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Weighting 60
2. Technical. Weighting 40
3. Price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
ITP15-19
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
Section V: Award of contract
Contract No: ITP15-19 Lot title: The provision of Intellectual property
and copyright services.
V.1)Date of contract award decision:
21.12.2015
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
HGF Ltd
Belgrave street
LS2 8DD Leeds
UNITED KINGDOM
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 300 000 GBP
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 3
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen - FR-Paris
Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
Dokument Nr...: 10573-2016 (ID: 2016011309165348238)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
FR-Paris: Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen
2016/S 8/2016 10573
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Eau de Paris
Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373
Zu Händen von: Mme la directrice générale
75214 Paris Cedex 13
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [4]http://www.eaudeparis.fr/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45252126
Beschreibung
Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 15S0005
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Mandataire du groupement conjoint constitué entreprise Pinto /
Degremont services SASU
48 rue Jules Verne, BP 90114
35301 Fougères Cedex
FRANKREICH
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 8 500 000 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. http://www.eaudeparis.fr/
OT: 13/01/2016 S8 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure négociée
France-Paris: Travaux de construction de stations de traitement de
l'eau potable
2016/S 008-010573
Avis d'attribution de marché secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Eau de Paris
Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373
À l'attention de: Mme la directrice générale
75214 Paris Cedex 13
FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse générale de lentité adjudicatrice:
[6]http://www.eaudeparis.fr/
I.2)Activité principale
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Opération de reconstruction du décanteur de l'usine d'eau potable de
Joinville-le-Pont (94) marché pour la construction du nouveau
décanteur.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS FR101
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Opération de reconstruction d'un décanteur de lu'isnde d'eau potable de
Joinville-le-Pont (94) marché pour la construction du nouveau
décanteur
Les prestations à réaliser s'inscrivent dans le cadre du projet
d'amélioration de la clarification de l'usine de production d'eau
potable de Joinville-le-Pont (94) et ayant pour objectif de garantir
une production d'eau traitée de 300 000 m³/j quelle que soit la qualité
d'eau de la Marne.
Pour atteindre cet objectif, les modifications et compléments à
apporter à la filière de traitement suivants ont été identifiés:
Projet 1: Optimisation de l'atelier de flottation pour une production
d'eau flottée de 160 000 m³/j
Projet 2: Construction d'un nouveau décanteur en lieu et place du
décanteur existant pour une production d'eau décantée de 200 000 m³/j
Projet 3: Consolidation de l'atelier de traitement des boues afin
d'ajuster la capacité de traitement des boues aux nouveaux ateliers
La présente consultation concerne le projet 2. Celui-ci étant décomposé
en plusieurs marchés (réactifs, électricité / automatisme, station de
pompage...), la présente consultation concerne le marché relatif à la
réalisation du nouveau décanteur.
Base: la technologie de décantation prévue est un décanteur lamellaire
à recirculation de boues.
Les variantes sont acceptées mais limitées:
à la technologie de décantation et au génie civil associé,
au système de fondation de l'ouvrage.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45252126
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
15S0005
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis périodique indicatif
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 012-017951 du 17.1.2015
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 012-017951 du 17.1.2015
Section V: Attribution du marché
V.1)Attribution et valeur du marché
Marché nº: 15S0005
Intitulé: Reconstruction du décanteur de l'usine d'eau potable de
Joinville-le-Pont (94) marché pour la construction du nouveau
décanteur
V.1.1)Date d'attribution du marché:
4.1.2016
V.1.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Mandataire du groupement conjoint constitué entreprise Pinto /
Degremont services SASU
48 rue Jules Verne, BP 90114
35301 Fougères Cedex
FRANCE
V.1.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 8 500 000 EUR
Hors TVA
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution no: 11 A, annonce n° 124 du 16.1.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Adresse internet: [10]http://paris.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 144594646
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [11]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Adresse internet: [12]http://paris.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 144594646
VI.4)Date denvoi du présent avis:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - CZ-Prag
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dienstleistungen im Eisenbahnbau
Dokument Nr...: 10673-2016 (ID: 2016011309180348324)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
CZ-Prag: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
2016/S 8/2016 10673
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Správa elezniní dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dládná 1003/7
Kontaktstelle(n): Stavební správa východ
Zu Händen von: Ing. Jaromír Souek
110 00 Praha
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 724932283
E-Mail: [4]SoucekJ@szdc.cz
Fax: +420 585754276
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.szdc.cz/index.html
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71322000, 71311230
Beschreibung
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau.
Dienstleistungen im Eisenbahnbau.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 15 825 000 CZK
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sudop Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 972625804
E-Mail: [7]sudop@sudop-brno.cz
Fax: +420 541211310
Internet-Adresse: [8]http://www.sudop-brno.cz/index.php
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 17 000 000 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 15 825 000 CZK
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:SoucekJ@szdc.cz?subject=TED
5. http://www.szdc.cz/index.html
6. https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
7. mailto:sudop@sudop-brno.cz?subject=TED
8. http://www.sudop-brno.cz/index.php
OT: 13/01/2016 S8 - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
ízení
eská republika-Praha: Technické projekty pro provádní stavebn
inenýrských prací
2016/S 008-010673
Oznámení o zadání zakázky veejné sluby
Smrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Správa elezniní dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dládná 1003/7
Kontaktní místo: Stavební správa východ
K rukám: Ing. Jaromír Souek
110 00 Praha
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 724932283
E-mail: [6]SoucekJ@szdc.cz
Fax: +420 585754276
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: [7]http://www.szdc.cz/index.html
Adresa profilu kupujícího:
[8]https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234
I.2)Hlavní pedmt innosti
elezniní sluby
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatel
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce
Rekonstrukce traového úseku Vlkov u Tinova Kianov (mimo).
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Sluby
Kategorie slueb . 12: Sluby architekt; inenýrské sluby,
integrované inenýrské sluby; územní plánování; související
vdeckotechnické poradenství; technické testování a provádní analýz
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
Olomoucký kraj.
Kód NUTS CZ071
II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
(DNS)
II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu():
Cílem stavby je odstranní nevyhovujícího stavu elezniního svrku a
spodku, zvýení bezpenosti provozu, zajitní spolehlivého provozu a
celkové zvýení kvality elezniní dopravní cesty. Tato investice je
vyvolána celkovým stáím elezniního svrku, nevyhovujícím stavem el.
spodku bez ádného odvodnní, vysokým provozním zatíením a nutností
minimalizovat provozní výluky na údrbu a opravy celostátní dráhy.
Souasn rekonstrukcí dojde ke splnní poadavk interoperability,
zajitní potebných parametr pro provoz dopravy, zvýení traové
rychlosti, zajitní bezbariérového pístupu a splnní poadavk platné
legislativy. Dvodem pro tuto rekonstrukci je patný technický stav
koleje. Jednotlivé souásti elezniního svrku a spodku vykazují
vysokou míru opotebovanosti a zachování normového stavu pedstavuje
zvýené nároky na údrbu.
Místem stavby je dvoukolejná elektrifikovaná tra . 250 Brno
Havlíkv Brod, od st. Vlkov u Tinova po st. Kianov (st. Kianov
není pedmtem stavby). Daný úsek trati se nachází v kraji Vysoina,
kat. území Vlkov u Osové Bítýky, Osová, Osová Bítýka, Oechov u
Kianova, Kianov, Sviny u Kianova, Kozlov u Kianova, TUDU 2031G1
Vlkov u Tinova ZV 1 ZV 20 (km 48,5 49,4) a 203114 Vlkov u Tinova
ZV 20 Kianov KV3 km (km 49,4 61,1), staniení kolejových úprav
cca od km 48,5 do km 61,1.
Pedmtem zakázky je zpracování pípravné dokumentace stavby vetn
zámru projektu, ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace,
geotechnického a hydrotechnického przkumu (vetn vyhodnocení kvality
vod v pedmtném úseku el. trati). Pedmtem zakázky je i podání
ádosti o vydání územního rozhodnutí, vetn zajitní dodatených
poadavk stavebního úadu a dodání oznámení o zahájení ízení
písluného stavebního úadu. Správní poplatek za správní ízení hradí
zadavatel SDC, s.o.
Zpracovatel zajistí vyjádení písluného krajského úadu, zda zámr
podléhá procesu posouzení vlivu na ivotní prostedí (EIA) ve smyslu
zákona . 100/2001 Sb., v platném znní. Pokud se krajský úad ve svém
stanovisku vyjádí, e uvedený zámr podléhá procesu EIA, zajistí
zpracovatel vypracování Oznámení zámru dle pílohy . 3 uvedeného
zákona a jeho projednání s doteným orgánem.
Pedmtem zpracování konceptu technického eení bude provení eení
rekonstrukce stávajícího stavu a dále úprav dle bodu 5.1.1. ZTP.
II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
71322000, 71311230
II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
Hodnota: 15 825 000 CZK
Bez DPH
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnií nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Bude pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené zadavatelem:
6174164
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
Oznámení o zakázce
íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 189-343576 ze dne 30.9.2015
Oddíl V: Zadání zakázky
V.1)Zadání a hodnota zakázky
Název: Rekonstrukce traového úseku Vlkov u Tinova Kianov (mimo)
V.1.1)Datum zadání zakázky:
14.12.2015
V.1.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 4
V.1.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Sudop Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 972625804
E-mail: [10]sudop@sudop-brno.cz
Fax: +420 541211310
Internetová adresa: [11]http://www.sudop-brno.cz/index.php
V.1.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 17 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 15 825 000 CZK
Bez DPH
V.1.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uvete hodnotu nebo pomrnou ást zakázky, která bude pravdpodobn
provedena subdodavatelsky tetími stranami:
Pomrná ást: 26,0 %
Struný popis hodnoty/pomrné ásti zakázky, která bude provedena
subdodavatelsky: Geotechnický przkum pracového podloí (15,96 %),
geotechnický przkum mostních objekt (5,53 %), technic. poradenství,
reklamní a grafická innost, poplatky (4,5 %).
V.1.6)Cena zaplacená za zvýhodnné nákupy
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
Jedná se o nadlimitní veejnou zakázku zadanou v souvislosti s výkonem
relevantní innosti sektorového zadavatele. Zakázka byla zadána v
oteveném ízení dle zákona . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve
znní pozdjích pedpis.
VI.3)Odvolací ízení
VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [12]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [14]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [15]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - MK-Bitola
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Dieselkraftstoff
Dokument Nr...: 1073-2016 (ID: 2016010209352038357)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
MK-Bitola: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
2016/S 1/2016 1073
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
KJP Niskogradba Bitola
Bulevar 1vi Maj bb
7000 Bitola
EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
Telefon: +389 47233600
E-Mail: [4]niskogradbabt@yahoo.com
Fax: +389 47224520
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.niskogradba.com
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09000000, 09134200
Beschreibung
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
Energiequellen.
Dieselkraftstoff.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
21.1.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:niskogradbabt@yahoo.com?subject=TED
5. http://www.niskogradba.com/
OT: 02/01/2016 S1 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
Former Yugoslav Republic of Macedonia-Bitola: Petroleum products, fuel,
electricity and other sources of energy
2016/S 001-001073
Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
KJP Niskogradba Bitola
Bulevar 1vi Maj bb
7000 Bitola
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Telephone: +389 47233600
E-mail: [6]niskogradbabt@yahoo.com
Fax: +389 47224520
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.niskogradba.com
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Fuel.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Given in tender documentation.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
09000000, 09134200
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Fuel for vehicles
1)Short description
2)Common procurement vocabulary (CPV)
09000000, 09134200
3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Extra light heating oil 1 (EL-1)
1)Short description
2)Common procurement vocabulary (CPV)
09000000, 09134200
3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: Given in tender
documentation.
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - CH-Zürich
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 10773-2016 (ID: 2016011309194848416)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
CH-Zürich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2016/S 8/2016 10773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
Zu Händen von: Ralf Ditt
8092 Zürich
SCHWEIZ
E-Mail: [6]ditt-ralf@ethz.ch
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.immobilien.ethz.ch
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
ETH Zürich, Gebäude CLA, Gebäudeautomation Ersatz,
Submission für GA-Planerleistungen zum Ersatz einer
Gebäudeautomation-Anlage.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
Beratung, technische Versuche und Analysen
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 144-267060 vom 29.7.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
7.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
IBG B. Graf AG, Engineering
Hintermühlenstraße 4
8409 Winterthur
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 151 570,60 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Begründung des Zuschlagsentscheides: Ausschlaggebend war die beste
Bewertung in den Kriterien Qualität und Referenzen der
Schlüsselpersonen und des Unternehmens. Insgesamt stellt es das
wirtschaftlich günstigste Angebot dar.
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 897027.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
References
6. mailto:ditt-ralf@ethz.ch?subject=TED
7. http://www.immobilien.ethz.ch/
8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267060-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016 S8 - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über
vergebene Aufträge - Offenes Verfahren
die Schweiz-Zürich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions-
und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2016/S 008-010773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
Zu Händen von: Ralf Ditt
8092 Zürich
SCHWEIZ
E-Mail: [6]ditt-ralf@ethz.ch
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.immobilien.ethz.ch
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
ETH Zürich, Gebäude CLA, Gebäudeautomation Ersatz,
Submission für GA-Planerleistungen zum Ersatz einer
Gebäudeautomation-Anlage.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
Beratung, technische Versuche und Analysen
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 144-267060 vom 29.7.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
7.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
IBG B. Graf AG, Engineering
Hintermühlenstraße 4
8409 Winterthur
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 151 570,60 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Begründung des Zuschlagsentscheides: Ausschlaggebend war die beste
Bewertung in den Kriterien Qualität und Referenzen der
Schlüsselpersonen und des Unternehmens. Insgesamt stellt es das
wirtschaftlich günstigste Angebot dar.
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 897027.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Schwimmbäder - DE-Friedrichshafen
Bauarbeiten für Schwimmbäder
Aufzüge
Dokument Nr...: 10873-2016 (ID: 2016011409013648587)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
DE-Friedrichshafen: Bauarbeiten für Schwimmbäder
2016/S 9/2016 10873
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Friedrichshafen/Technische Werke GmbH Friedrichshafen vertreten
durch Herrn EBM Dr.-Ing. Stefan Köhler, dieser vertreten durch das
Stadtbauamt
Charlottenstraße 12
Kontaktstelle(n): Stadt Friedrichshafen, Stadtbauamt, Abteilung Hochbau
Zu Händen von: Frau Frischknecht
88045 Friedrichshafen
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 7541/ 203-4103
E-Mail: [6]r.frischknecht@friedrichshafen.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.friedrichshafen.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Neubau Sportbad und Neubau Parkhaus 069.01 Aufzug.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Meistershofener Straße - neben ZF-Arena, 88048 Friedrichshafen.
NUTS-Code DE147
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
4 St. Aufzüge, 1 St. Hubbühne.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45212212, 42416100
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Die Stadt FN plant den Neubau eines Sportbades und die Technischen
Werke FN planen den Neubau eines Parkhauses, jeweils im Gebiet
Sportpark.
Das Bad beinhaltet mehrere Schwimbecken, eine Wasserrutsche, einen
Saunabereich und eine Gastronomie.
Das Bauvolumen umfasst ca. 11 600 m^2 BGF und ca. 65 000 m^3 BRI.
Das Parkhaus beinhaltet ca. 420 Parkplätze auf 11 Teilebenen, ober- und
unterirdisch.
Das Bauvolumen des Parkhauses umfasst ca. 14 000 m^2 BGF und ca. 48 500
m^3 BRI.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend im einem bevollmächtigten Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Siehe Vergabeunterlagen
(KEV-Formulare).
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Vergabeunterlagen
(KEV-Formulare).
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Siehe Vergabeunterlagen (KEV-Formulare).
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
250/069.01 Aufzug
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 228-414353 vom 25.11.2015
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 18.2.2016 - 11:30
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 30 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Per Scheck,
25 EUR + 5 EUR Versandgebühr.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
18.2.2016 - 11:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 31.5.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18.2.2016 - 11:30
Ort:
Zimmer 1.50, Charlottenstraße 12, 88045 Friedrichshafen.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: An der
Eröffnung können Bieter und/ oder ihre Bevollmächtigten Vertreter
teilnehmen.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße, Vergabekammer
Baden-Württemberg,
Regierungspräsidium Karlsruhe, 76247 Karlsruhe, Telefon: +49
721/926-4049.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12.1.2016
References
6. mailto:r.frischknecht@friedrichshafen.de?subject=TED
7. http://www.friedrichshafen.de/
8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414353-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Grabenaushub - FR-Agen
Grabenaushub
Bau von Gasversorgungsleitungen
Installation von Elektroanlagen
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Dokument Nr...: 10973-2016 (ID: 2016011409023048691)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
FR-Agen: Grabenaushub
2016/S 9/2016 10973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier CS 10190
Zu Händen von: M. le président
47916 Agen
FRANKREICH
Telefon: +33 553695349
E-Mail: [4]karine.maziere@agen.fr
Fax: +33 553685479
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://caa.e-marchespublics.com
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://caa.e-marchespublics.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45112100, 45231221, 45311000, 09331200, 45112710
Beschreibung
Grabenaushub.
Bau von Gasversorgungsleitungen.
Installation von Elektroanlagen.
Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen.
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 000 718,44 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
groupement SAS Spie Sud-Ouest et Éléctromontage SAS
41 rue Denis Papin, ZI Jean Malèze
47240 Bon Encontre
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 494 407,10 EUR
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
groupement Courserant / SAS Neptune Arrosage
route de Bordeaux
47300 Bias
E-Mail: [7]sa.courserant@gmail.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 506 311,34 EUR
References
4. mailto:karine.maziere@agen.fr?subject=TED
5. http://caa.e-marchespublics.com/
6. http://caa.e-marchespublics.com/
7. mailto:sa.courserant@gmail.com?subject=TED
OT: 14/01/2016 S9 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Agen: Travaux de creusement de tranchées
2016/S 009-010973
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier CS 10190
À l'attention de: M. le président
47916 Agen
FRANCE
Téléphone: +33 553695349
E-mail: [6]karine.maziere@agen.fr
Fax: +33 553685479
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://caa.e-marchespublics.com
Adresse du profil dacheteur: [8]http://caa.e-marchespublics.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: EPCI
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
5eaf03 Relance des lots 3 (réseaux secs) et 4 (espaces verts
arrosage) déclarés sans suite du marché 15de01 travaux d'aménagement
infrastructure ZAC Technopole.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Technopole Agen-Garonne, 47310 Sainte
Colombe-en-Brulhois-et-Brax.
Code NUTS FR614
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Relance des lots 3 (réseaux secs) et 4 (espaces verts arrosage)
déclarés sans suite du marché 15de01 travaux d'aménagement
infrastructure ZAC Technopole Agen-Garonne.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112100, 45231221, 45311000, 09331200, 45112710
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 4 000 718,44 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
5EAF03
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 124-226630 du 1.7.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 3: Réseaux secs
V.1)Date d'attribution du marché:
23.9.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
groupement SAS Spie Sud-Ouest et Éléctromontage SAS
41 rue Denis Papin, ZI Jean Malèze
47240 Bon Encontre
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1 494 407,10 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: Espaces verts et arrosage
V.1)Date d'attribution du marché:
23.9.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
groupement Courserant / SAS Neptune Arrosage
route de Bordeaux
47300 Bias
E-mail: [10]sa.courserant@gmail.com
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 506 311,34 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
5EAF03
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-109927, mise en ligne le 16.7.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet, CS 21490
33063 Bordeaux Cedex
E-mail: [11]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Organe chargé des procédures de médiation
sgar-cciral
4 bis esplanade charles de gaulle
33077 Bordeaux Cedex
Téléphone: +33 556906530
Fax: +33 556906500
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet, CS 21490
33063 Bordeaux
E-mail: [12]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.4)Date denvoi du présent avis:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung - FR-Cran-Gevrier
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
Dokument Nr...: 11073-2016 (ID: 2016011409033748805)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
FR-Cran-Gevrier: Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
2016/S 9/2016 11073
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
SILA
7 rue des Terrasses
74960 Cran-Gevrier
FRANKREICH
Telefon: +33 450667777
E-Mail: [5]isabelle.simon@sila.fr
Fax: +33 450667800
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.sila.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90400000
Beschreibung
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015-067
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Bouygues Énergies et Services
49 avenue du Lac du Bourget, BP 80289
73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
References
5. mailto:isabelle.simon@sila.fr?subject=TED
6. http://www.sila.fr/
OT: 14/01/2016 S9 - - Marché de travaux - Avis en cas de transparence
ex ante volontaire - Attribution de marché sans publication préalable
France-Cran-Gevrier: Services des eaux usées
2016/S 009-011073
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Le présent avis est couvert par: la directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
SILA
7 rue des Terrasses
74960 Cran-Gevrier
FRANCE
Téléphone: +33 450667777
E-mail: [6]isabelle.simon@sila.fr
Fax: +33 450667800
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice:
[7]http://www.sila.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Autre: Traitement des déchets eaux usées
1.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte
d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Amélioration des programmes automates de l'UDEP Siloé à Cran-Gevrier
(tranche 1).
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La réalisation de modifications d'automatisme et câblages électriques
sur les processus de traitement des eaux, traitement des boues et
traitement de l'air de l'usine Siloé.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90400000
II.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 58 598 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
section 2 de lannexe D1, D2 ou D3, selon le cas)
Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
Autre justification de lattribution du marché sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE
Le marché a pour objet des services figurant à lannexe II B de la
directive
Il s'agit d'un marché de travaux dont le montant estimatif est
inférieur aux seuils européen et conclu selon une procédure adaptée.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur/l'entité adjudicatrice
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015-067
V.1)Date d'attribution du marché:
24.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues:2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Bouygues Énergies et Services
49 avenue du Lac du Bourget, BP 80289
73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 59 000 EUR
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 58 598 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui Indiquer en valeur ou
en pourcentage la part du marché susceptible dêtre sous-traitée
Inconnue
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Messeeinrichtungen - ES-Madrid
Messeeinrichtungen
Museumsausstellungen
Dokument Nr...: 11173-2016 (ID: 2016011409044348901)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
ES-Madrid: Messeeinrichtungen
2016/S 9/2016 11173
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de Cultura y Deportes
calle Montalbán, nº 1, 2ª planta
Kontaktstelle(n): Servicio de Contratación del Área de Gobierno de
Cultura y Deportes
28014 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 915880021
E-Mail: [4]contratacioncultura@madrid.es
Fax: +34 915881172
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.madrid.es
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Perfil de contratante
www.madrid.es
Madrid
SPANIEN
Internet-Adresse: [6]www.madrid.es
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Registro del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes
calle Montalbán, nº 1, planta baja
Kontaktstelle(n): Lugar entrega muestras: Departamento de Exposiciones,
calle Conde Duque, 9 y 11, de 9:00 a 14:00 horas, previa a la
presentación de proposiciones en Registro
28014 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 915881276/+34 914800516
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
39154000, 92521100
Beschreibung
Messeeinrichtungen.
Museumsausstellungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 12.2.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Spanisch.
References
4. mailto:contratacioncultura@madrid.es?subject=TED
5. http://www.madrid.es/
6. http://www.madrid.es/
OT: 14/01/2016 S9 - - Suministros - Anuncio de licitación -
Procedimiento abierto
España-Madrid: Equipamiento de exposición
2016/S 009-011173
Anuncio de licitación
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Ayuntamiento de Madrid Área de Gobierno de Cultura y Deportes
calle Montalbán, nº 1, 2ª planta
Punto(s) de contacto: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de
Cultura y Deportes
28014 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 915880021
Correo electrónico: [6]contratacioncultura@madrid.es
Fax: +34 915881172
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]www.madrid.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Perfil de contratante
www.madrid.es
Madrid
ESPAÑA
Dirección Internet: [8]www.madrid.es
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Registro
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes
calle Montalbán, nº 1, planta baja
Punto(s) de contacto: Lugar entrega muestras: Departamento de
Exposiciones, calle Conde Duque, 9 y 11, de 9:00 a 14:00 horas, previa
a la presentación de proposiciones en Registro
28014 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 915881276/+34 914800516
I.2)Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Suministro de fabricación y montaje de la exposición permanente del
Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: Plaza de San Andrés, 2, 28005 Madrid.
Código NUTS ES300
II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Suministro de fabricación y montaje de la exposición permanente del
Museo de San Isidro.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
39154000, 92521100
II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Valor estimado IVA excluido: 569 353,96 EUR
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: no
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 6 (a partir de la adjudicación del contrato)
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
técnico
III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato
(IVA excluido).
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
referencia a las disposiciones que las regulan:
Certificaciones mensuales en las que se especifiquen los trabajos
realmente ejecutados, mediante la aplicación de los correspondientes
precios a las unidades ejecutadas de cada elemento. Los importes de las
partidas que figuran en el proyecto son de abono completo por resultar
imposible su descomposición. Los precios de las unidades son los
correspondientes al proyecto aprobado y su resultado deberá ser
minorado por la baja de adjudicación ofertada.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
económicos adjudicataria del contrato:
Unión Temporal de Empresarios.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos: Capacidad de obrar: Escrituras sociales inscritas en el
Registro Mercantil, CIF de la empresa, DNI del firmante de la oferta.
Declaración de no estar incurso en prohibición o incompatibilidad para
contratar. Poderes
bastanteados por la Dirección General de la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Madrid.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos: Artículo 75.1. a) del TRLCSP: Volumen anual de negocios, o
bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: El criterio para la
acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los 3 últimos concluidos (2012, 2013 y 2014) deberá ser
de al menos 855 000 EUR.
Se acreditará mediante declaración responsable firmada por el
representante legal de la empresa.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos:
Artículo 77.1 a) TRLCSP: Relación de los principales suministros
efectuados durante los últimos 5 años, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Relación firmada de los principales trabajos o suministros efectuados
durante los últimos 5 años (2011 ,2012, 2013, 2014 y 2015), indicando
fechas, importes y beneficiarios y exigiéndose expresamente que el
valor acumulado de los trabajos similares realizados en dichos años sea
igual o superior a 400 000 EUR. Deberá acreditarse mediante un máximo
de 10 certificados (original o copia compulsada), conforme a lo
indicado en el art. 67.5.b) 3º del R.D. 1098/2011, de 12 de octubre,
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Los
trabajos o suministros cuyo destinatario hubiese sido un sujeto privado
podrán ser acreditados, a falta del mencionado certificado, por una
declaración del empresario licitador, teniendo en cuenta que en este
caso deberán explicarse los motivos por los que no puede aportarse
certificado del destinatario privado del trabajo realizado.
Se entenderá por trabajos similares la producción del suministro,
instalación y coordinación de la ejecución de proyectos museísticos y/o
exposiciones permanentes o temporales para instituciones culturales
públicas o privadas. Así mismo para aquellas entidades que asuman entre
sus fines proyectos de interés cultural.
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios
personales o materiales: Los licitadores deberán incluir, acompañando a
los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de
adscripción o dedicación de los medios personales suficientes para la
ejecución del contrato requeridos en el punto 3.2.1. del pliego de
prescripciones técnicas.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
enumerados a continuación
1. Organización de los trabajos. Ponderación 5
2. Muestras. Ponderación 20
3. Precio. Ponderación 45
4. Mejoras técnicas. Ponderación 30
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente:
300201500129
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso
a los mismos: 12.2.2016
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
participación
22.2.2016 - 14:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
solicitudes de participación
español.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de
ofertas)
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Fecha: 2.3.2016 - 10:00
Lugar:
calle Conde Duque, 9-11, Madrid 28015.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí
Información adicional sobre las personas autorizadas y el procedimiento
de apertura: Acto público.
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen - DE-Frankfurt am Main
Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen
Dokument Nr...: 11273-2016 (ID: 2016011409054149003)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
DE-Frankfurt am Main: Karosserien für Busse, Krankenwagen und Lastwagen
2016/S 9/2016 11273
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Frankfurt am Main, Der Magistrat, Branddirektion
Feuerwehrstr. 1
Zu Händen von: Sandra Iamaio
60435 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 69-212-725114
E-Mail: [6]vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de
Fax: +49 69-212-725119
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]www.feuerwehr-frankfurt.de
Adresse des Beschafferprofils: vergabe.stadt-frankfurt.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: vergabe.stadt-frankfurt.de
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
vergabe.stadt-frankfurt.de
Weitere Auskünfte erteilen: Stadt Frankfurt am Main, Der Magistrat,
Branddirektion
Feuerwehrstr. 1
Zu Händen von: Sandra Iamaio
60435 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 69-212-725114
E-Mail: [8]vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de
Fax: +49 69-212-725119
Internet-Adresse: vergabe.stadt-frankfurt.de
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Fahrgestelle für Rettungstransportwagen (LDL015).
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Fahrtec Systeme GmbH, Genzkower Straße 10, 17034 Neubrandenburg.
NUTS-Code DE712
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Lieferung von 10 Fahrgestellen des Typs Mercedes Benz Sprinter 519 CDI
für Rettungstransportwagen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34211000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Gegenstand des Verfahrens ist die Lieferung von 10 Fahrgestellen
(Mercedes Benz Sprinter 519 CDI) im Zeitraum vom 2.5.2016 bis
31.10.2016.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 2.5.2016. Abschluss 31.10.2016
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Gemäß HVTG.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Falls zutreffend: Namentliche Bezeichnung der
vorgesehenen Nachunternehmer;
Falls zutreffend: Verpflichtungserklärung der vorgesehenen
Nachunternehmer, dass diese sich im Falle der Auftragsvergabe an den
Bieter verpflichten, die für im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen
aufgeführten Leistungen zu erbringen sowie alle dafür erforderlichen
personellen, sachlichen, finanziellen und sonstigen Mittel zur
Verfügung zu stellen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Keine.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Keine.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Erfüllung aller Ausschlusskriterien der Leistungsbeschreibung
2. Preis. Gewichtung 100
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
37-2015-00132
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 26.2.2016
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 15:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 29.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 8.3.2016 - 6:00
Ort:
Entfällt.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
In den Vergabeunterlagen sind alle Positionen als Ausschlusskriterium
gekennzeichnet. Es werden nur Angebote gewertet, bei denen alle als
Ausschlusskriterien gekennzeichneten Positionen durch den Bieter mit
Ja beantwortet und somit erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als
Ausschlusskriterium gekennzeichneten Position führt zum Ausschluss des
Angebots von der weiteren Wertung.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151-12-5816
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften sind je nach Sachlage
innerhalb von 3 bis 7 Tagen nach Kenntniserlangung gegenüber dem
Auftraggeber zu rügen, § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB.
Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig,
wenn Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung oder die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zur Angebotsabgabe oder Bewerbung gerügt werden, § 107 Abs. 3 S.
1 Nr. 2 und 3 GWB.
Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsantrags ist unzulässig,
wenn seit dem Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind, §
107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB.
Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsantrags ist zudem
unzulässig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt wurde.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12.1.2016
References
6. mailto:vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de?subject=TED
7. http://www.feuerwehr-frankfurt.de/
8. mailto:vol-ausschreibungen.amt37@stadt-frankfurt.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Medizinische Geräte - ES-Vitoria-Gasteiz
Medizinische Geräte
Dokument Nr...: 11373-2016 (ID: 2016011409065049111)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
ES-Vitoria-Gasteiz: Medizinische Geräte
2016/S 9/2016 11373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Osakidetza
S5100023J
c/ Álava, 45
Kontaktstelle(n): Contratación
01006 Vitoria-Gasteiz
SPANIEN
Telefon: +34 945006317
E-Mail: [4]contrata@osakidetza.eus
Fax: +34 945006345
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]www.osakidetza.euskadi.eus
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33100000
Beschreibung
Medizinische Geräte.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 476 032 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
B. Braun Medical, S.A.
carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 577 700 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 19 500 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
General Electric Healthcare España, S.A.U.
c/ Gobelas, 35-37
28023 Madrid
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 577 700 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 22 000 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Steriltech, S.L.
c/ Laguna de Marquesado, 14, nave 1
28021 Madrid
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 577 700 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 244 500 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Steris Iberia, S.A.U.
c/ Calendula, 95, Mini Parc II
28109 Alcobendas (Madrid)
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 577 700 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 104 100 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Antonio Matachana, S.A.
c/ Almogavares, 174-176
08018 Barcelona
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 577 700 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 85 932 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:contrata@osakidetza.eus?subject=TED
5. http://www.osakidetza.euskadi.eus/
OT: 14/01/2016 S9 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Procedimiento abierto
España-Vitoria-Gasteiz: Equipamiento médico
2016/S 009-011373
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Osakidetza
S5100023J
c/ Álava, 45
Punto(s) de contacto: Contratación
01006 Vitoria-Gasteiz
ESPAÑA
Teléfono: +34 945006317
Correo electrónico: [6]contrata@osakidetza.eus
Fax: +34 945006345
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]www.osakidetza.euskadi.eus
I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: ente público de derecho privado
I.3)Principal(es) actividad(es)
Salud
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Suministro e instalación de equipamiento básico para el animalario de
instituto de investigación sanitaria Biocruces.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Código NUTS ES21
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Suministro e instalación de equipamiento básico para el animalario de
instituto de investigación sanitaria Biocruces.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33100000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 476 032 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Prescripciones técnicas. Ponderación 41
2. Propuesta del plan de soporte. Ponderación 2
3. Propuesta de plan de formación. Ponderación 2
4. Precio de la oferta. Ponderación 51
5. Garantía. Ponderación 4
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
G/140/20/0/0936/O661/0000/062015
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 130-239049 de 9.7.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 1 Lote Nº: 1 - Denominación: Bombas
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
23.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
B. Braun Medical, S.A.
carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 577 700 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 19 500 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Contrato Nº: 2 Lote Nº: 2 - Denominación: Respirador
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
23.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
General Electric Healthcare España, S.A.U.
c/ Gobelas, 35-37
28023 Madrid
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 577 700 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 22 000 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Contrato Nº: 3 Lote Nº: 6 - Denominación: Racks
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
23.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Steriltech, S.L.
c/ Laguna de Marquesado, 14, nave 1
28021 Madrid
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 577 700 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 244 500 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Contrato Nº: 4 Lote Nº: 7 - Denominación: Equipamiento suspendido
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
23.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Steris Iberia, S.A.U.
c/ Calendula, 95, Mini Parc II
28109 Alcobendas (Madrid)
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 577 700 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 104 100 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Contrato Nº: 5 Denominación: Lote 8: Mesa quirúrgica. Lote 9:
Mobiliario variado
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
23.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Antonio Matachana, S.A.
c/ Almogavares, 174-176
08018 Barcelona
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 577 700 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 85 932 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: sí
Referencia de los proyectos o programas: Proyecto cofinanciado con
fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para el periodo de programación 2007-2013.
VI.2)Información adicional:
Los lotes 3, 4 y 5 han quedado desiertos.
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Órgano de Contratación de Osakidetza
c/ Álava, 45
01006 Vitoria-Gasteiz.
Correo electrónico: [9]contrata@osakidetza.eus
Teléfono: +34 945006152
Dirección Internet: [10]www.osakidetza.euskadi.eus
Fax: +34 945006345
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
Osakidetza, Dirección General, Subdirección de Compras, Obras y
Servicios Estratégicos
c/ Álava, 45
01006 Vitoria-Gasteiz.
Correo electrónico: [11]contrata@osakidetza.eus
Teléfono: +34 945006152
Dirección Internet: [12]www.osakidetza.euskadi.eus
Fax: +34 945006345
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Lehrmaterial - UK-Wrexham
Lehrmaterial
Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe
Büromaterial
Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
Trennblätter
Dokument Nr...: 11473-2016 (ID: 2016011409080749218)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
UK-Wrexham: Lehrmaterial
2016/S 9/2016 11473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Wrexham County Borough Council
Lampbit Street
Zu Händen von: Rachel Glynn-Thomas
LL11 1AR Wrexham
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1978292791
E-Mail: [4]rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA026
4
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
39162000, 22800000, 30192700, 30199000, 30199600
Beschreibung
Lehrmaterial.
Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes
Büromaterial aus Papier oder Pappe.
Büromaterial.
Bürobedarf aus Papier und andere Artikel.
Trennblätter.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 100 000 GBP
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Internet-Adresse: [6]www.theconsortium.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Internet-Adresse: [7]www.theconsortium.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Internet-Adresse: [8]www.theconsortium.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Internet-Adresse: [9]www.theconsortium.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk?subject=TED
5. http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0264
6. http://www.theconsortium.co.uk/
7. http://www.theconsortium.co.uk/
8. http://www.theconsortium.co.uk/
9. http://www.theconsortium.co.uk/
OT: 14/01/2016 S9 - - Supplies - Contract award notice - Open
procedure
United Kingdom-Wrexham: Educational equipment
2016/S 009-011473
Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Wrexham County Borough Council
Lampbit Street
For the attention of: Rachel Glynn-Thomas
LL11 1AR Wrexham
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1978292791
E-mail: [6]rachel.glynn-thomas@wrexham.gov.uk
Internet address(es):
Address of the buyer profile:
[7]http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA026
4
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes
Blaenau Gwent
Cardiff
Monmouthshire
Newport
Torfaen
Vale of Glamorgan
Carmarthen
Neath Port Talbot
Pembrokeshire
Swansea
Ceredigion
Powys
Wrexham
Flintshire
Denbighshire
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
WPC Framework for the Supply of Educational and Curriculum Aids.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Wales.
NUTS code UKL15
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Wrexham County Borough Council, on behalf of the Welsh Purchasing
Consortium (WPC) is the Lead Authority for this collaborative
procurement exercise for the supply of Educational and Curriculum Aids.
The participating Authorities are being split into four Lots which are:
Lot 1 South East Wales.
(Blaenau Gwent / Cardiff / Monmouthshire / Newport / Torfaen / Vale of
Glamorgan).
Lot 2 South West Wales.
(Carmarthen / Neath Port Talbot / Pembrokeshire / Swansea).
Lot 3 Mid Wales.
(Ceredigion / Powys).
Lot Four North Wales.
(Wrexham / Flintshire / Denbighshire).
This Framework Agreement will commence upon award and run for 2 years
with the option to extend for a further 2 years in Annual Increments.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
39162000, 22800000, 30192700, 30199000, 30199600
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 4 100 000 GBP
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Technical. Weighting 40
2. Commercial. Weighting 60
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
Proc 14-65
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: [8]2015/S 129-237024 of 8.7.2015
Section V: Award of contract
Lot No: 1 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
Curriculum Aids
V.1)Date of contract award decision:
2.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 7
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
UNITED KINGDOM
Internet address: [9]www.theconsortium.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
Lot No: 2 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
Curriculum Aids
V.1)Date of contract award decision:
2.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 7
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
UNITED KINGDOM
Internet address: [10]www.theconsortium.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
Lot No: 3 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
Curriculum Aids
V.1)Date of contract award decision:
2.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
UNITED KINGDOM
Internet address: [11]www.theconsortium.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
Lot No: 4 - Lot title: WPC Framework for the Supply of Educational and
Curriculum Aids
V.1)Date of contract award decision:
2.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
The Consortium
Hammond Way
BA14 8RR Trowbridge
UNITED KINGDOM
Internet address: [12]www.theconsortium.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
VI.2)Additional information:
(WA Ref:39570).
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Buchprüfung - DE-Berlin
Buchprüfung
Dokument Nr...: 11573-2016 (ID: 2016011409092349317)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
DE-Berlin: Buchprüfung
2016/S 9/2016 11573
Rechnungshof von Berlin, An der Urania 4-10, Rechnungshof von Berlin,
Zu Händen von: Regina Brandenburger, Andrea Cerajewski, Berlin 10787,
DEUTSCHLAND. Telefon: +49 3088613629 / 3088613441. Fax: +49 3088613120.
E-Mail: rbrandenburger@rh.berlin.de
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
246-447785)
Betr.:
CPV:79212100
Buchprüfung
Anstatt:
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung:
Abschluss:
30.6.2020
muss es heißen:
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung:
Abschluss:
30.6.2021
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447785-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Krankenhäusern - IT-Rom
Dienstleistungen von Krankenhäusern
Dokument Nr...: 11673-2016 (ID: 2016011409103749408)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
IT-Rom: Dienstleistungen von Krankenhäusern
2016/S 9/2016 11673
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
INMI L. Spallanzani
Via Portuense 292
Zu Händen von: dott.ssa Simona Di Giovanni
00149 Roma
ITALIEN
E-Mail: [4]simona.digiovanni@inmi.it
Fax: +39 0655170810
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.inmi.it
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
85111000
Beschreibung
Dienstleistungen von Krankenhäusern.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
4.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Italienisch.
References
4. mailto:simona.digiovanni@inmi.it?subject=TED
5. http://www.inmi.it/
OT: 14/01/2016 S9 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Roma: Servizi ospedalieri
2016/S 009-011673
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
INMI L. Spallanzani
Via Portuense 292
All'attenzione di: dott.ssa Simona Di Giovanni
00149 Roma
ITALIA
Posta elettronica: [6]simona.digiovanni@inmi.it
Fax: +39 0655170810
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: [7]www.inmi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Salute
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice:
Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 55
del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per il periodo di un anno,
eventualmente rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi del servizio di
Ausiliariato dell'Istituto.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 55
del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per il periodo di un anno,
eventualmente rinnovabile fino a ulteriori 12 mesi del servizio di
Ausiliariato dell'Istituto.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85111000
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 700 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedi disciplinare di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Vedi disciplinare di gara.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Vedi disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare
di gara.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi disciplinare di gara.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
unofferta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
4.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi
disciplinare di gara.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Molen - IT-Neapel
Molen
Dokument Nr...: 1173-2016 (ID: 2016010509012338513)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
IT-Neapel: Molen
2016/S 2/2016 1173
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Autorità portuale di Napoli
P.le Carlo Pisacane interno porto
Kontaktstelle(n): Ufficio Contratti
80133 Napoli
ITALIEN
Telefon: +39 0812283-238/239
E-Mail: [3]l.trito@porto.napoli.it, [4]r.notarangelo@porto.napoli.it
Fax: +39 081206888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.porto.napoli.it
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45244200
Beschreibung
Molen .
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.3.2016
References
3. mailto:l.trito@porto.napoli.it?subject=TED
4. mailto:r.notarangelo@porto.napoli.it?subject=TED
5. http://www.porto.napoli.it/
OT: 05/01/2016 S2 - - Lavori - Avviso di preinformazione senza
indizione di gara - Non applicabile
Italia-Napoli: Banchine
2016/S 002-001173
Avviso di preinformazione
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Autorità portuale di Napoli
P.le Carlo Pisacane interno porto
Punti di contatto: Ufficio Contratti
80133 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 0812283-238/239
Posta elettronica:
[5]l.trito@porto.napoli.it, [6]r.notarangelo@porto.napoli.it
Fax: +39 081206888
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]http://www.porto.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Altro: autorità portuale
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II.A: Oggetto dell'appalto (Lavori)
II.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice:
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante
del molo Pisacane.
II.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:
ITF33
II.3)Informazioni relative all'accordo quadro
Lavviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no
II.4)Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante
del molo Pisacane.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 656 089,40 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45244200
II.6)Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e
durata dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : 1.3.2016
II.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.8)Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Art. 1, comma 983, L. 296/06 per 8 221 254,60; fondi A.P. Napoli 3 278
743,40 EUR.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Informazioni sul quadro normativo generale
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - DE-Wiesbaden
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 11773-2016 (ID: 2016011409114849510)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
DE-Wiesbaden: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
2016/S 9/2016 11773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für
Datenverarbeitung
Mainzer Straße 29
Zu Händen von: Jannis Hein
65185 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 611/340-1946
E-Mail: [6]jannis.hein@hzd.hessen.de
Fax: +49 611/340-1150
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.vergabe.hessen.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Unterstützungsleistungen eBeihilfe Hessen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 7: Datenverarbeitung und verbundene
Tätigkeiten
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34112 Kassel.
NUTS-Code DE7
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Laufzeit der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Jahren: 4
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Unterstützungsleistungen eBeihilfe Land Hessen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72000000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist der Abschluss eines
Rahmenvertrages mit einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren mit einer
2-maligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 5.4.2016. Abschluss 4.4.2020
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Rahmenvertrag.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Der Bieter hat die
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ausgefüllt und
mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
Verpflichtungserklaerung_oeff_AG) auf der Vergabeplattform)
vorzulegen.
Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Bieter und Subunternehmer werden anhand der
geforderten Nachweise, Zertifikate, Erklärungen und Dokumente auf ihre
Eignung bzgl. Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
geprüft. Geforderte Eignungsnachweise/Erklärungen (gem. § 7 EG Abs. 1
VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise vorliegen,
sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig. In diesem Fall muss
vom Bieter der Hinweis aufgenommen werden, dass Unterlagen z. B. im
Hessischen Präqualifikationsregister (HPQR) oder im bundesweiten
Präqualifizierungsregister PQ-VOL ([9]www.pq-vol.de) vorliegen. Das
gültige Zertifikat inklusive der Anlage muss dem Angebot beigefügt
werden. Weitergehende oder zusätzliche Nachweise/Erklärungen, die
gefordert werden und nicht in Präqualifizierungsregistern enthalten
sind, müssen in Papierform dem Angebot beigefügt werden.
An die Eignung werden hohe Anforderungen gestellt. Die Eignungsprüfung
erfolgt anhand folgender Kriterien:
1. Erklärung gem. § 19 EG Abs. 4 i. V. m. § 6 EG Abs. 6 VOL/A.
Der Bieter hat die Erklärung gem. § 19 EG Abs. 4 i.V.m. § 6 EG Abs. 6
VOL/A ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
Eigenerklaerung_19 EG_VOLA auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
2. Erklärung betr. Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen.
Der Bieter hat die Erklärung betr. Ausschluss wegen schwerer
Verfehlungen ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
Erklaerung_Ausschluss auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft eine
solche Erklärung in der geforderten Form abzugeben.
Bei geplantem Einsatz von Subunternehmern ist die Erklärung von jedem
Subunternehmer in der erforderlichen Form vorzulegen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Zusage bzw. Nachweis bzgl.
Haftpflichtversicherung.
Der Bieter legt eine schriftliche Zusage vor (Datei Zusage_HPV auf
der Vergabeplattform), dass er für den Fall des Zuschlags eine
Haftpflichtversicherung für die Dauer der Vertragslaufzeit abschließen
wird bzw. falls bereits vorhanden eine solche besteht. Die
Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens:
für Personenschäden 500 000 EUR,
für Sachschäden 500 000 EUR,
für Vermögensschäden 5 000 000 EUR
betragen. Insgesamt sind jedoch 10 000 000 EUR pro Schadensart für die
Laufzeit des Vertrages ausreichend.
Bei Bietergemeinschaften ist nur die schriftliche Zusage bzw. der
Nachweis eines Mitglieds zwingend erforderlich.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
1. Eignungskatalog.
Der Bieter hat den vollständig ausgefüllten Eignungskatalog inkl. aller
Anlagen vorzulegen (Datei Eignungskatalog und dazugehörige Anlagen
auf der Vergabeplattform).
Bei der Bewertung der Eignung wird die folgende Kriterienart verwendet:
A(usschluss)-Kriterien:
A-Kriterien sind fachliche Ausschlusskriterien und müssen
uneingeschränkt erfüllt werden. Wird ein A-Kriterium nicht erfüllt,
erfolgt der Ausschluss des entsprechenden Angebotes wegen
Nichterfüllung.
Die fachlichen Ausschlusskriterien ergeben sich aus dem Eignungskatalog
(Datei Eignungskatalog auf der Vergabeplattform).
Erforderliche Erklärungen bei Angeboten von Bietergemeinschaften oder
bei Einsatz von Subunternehmern.
2. Verpflichtungserklärung (nur bei geplantem Subunternehmereinsatz).
Bei geplantem Subunternehmereinsatz ist vom Bieter ein Verzeichnis der
Subunternehmerleistungen (Datei
VOL_235_Verzeichnis_Unternehmerleistungen) vorzulegen.
Bei geplantem Subunternehmereinsatz ist von jedem Subunternehmer eine
Verpflichtungserklärungen (Datei VOL_236_Verpflichtungserklaerung auf
der Vergabeplattform) vorzulegen.
3. Bietergemeinschaftserklärung (nur bei Bietergemeinschaften).
Bietergemeinschaften haben die sog. Bietergemeinschaftserklärung
ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen (Datei
Bietergemeinschaftserklaerung auf der Vergabeplattform) vorzulegen.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
Dienstleistung verantwortlich sind: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
VG-A3000-2015-0020
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 23.2.2016
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 4.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Ort:
Entfällt.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Eine Beschreibung der zu vergebenden Leistung steht auf der
Vergabeplattform des Landes Hessen ([10]www.vergabe.hessen.de) zur
Verfügung und muss dort heruntergeladen werden.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6151/126601
Fax: +49 6151/125816
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein
Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 107 III S.
1 Nr. 4 GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12.1.2016
References
6. mailto:jannis.hein@hzd.hessen.de?subject=TED
7. http://www.vergabe.hessen.de/
8. http://www.vergabe.hessen.de/
9. http://www.pq-vol.de/
10. http://www.vergabe.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Computerunterstützung und -beratung - ES-Madrid
Computerunterstützung und -beratung
Dokument Nr...: 11873-2016 (ID: 2016011409125349598)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
ES-Madrid: Computerunterstützung und -beratung
2016/S 9/2016 11873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura
Paseo de la Castellana, 109, 9ª planta
Kontaktstelle(n): Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura
28046 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 912132326
E-Mail: [4]contratacion_digenin@oc.mde.es
Fax: +34 912132556
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72600000
Beschreibung
Computerunterstützung und -beratung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 173 034,26 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 100421501595 Los-Nr: 05
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Everis Spain, S.L.U.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 159 825,15 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 173 034,26 EUR
References
4. mailto:contratacion_digenin@oc.mde.es?subject=TED
5. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
OT: 14/01/2016 S9 - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato
- Procedimiento abierto
España-Madrid: Servicios de apoyo informático y de consultoría
2016/S 009-011873
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura
Paseo de la Castellana, 109, 9ª planta
Punto(s) de contacto: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura
28046 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 912132326
Correo electrónico: [6]contratacion_digenin@oc.mde.es
Fax: +34 912132556
Direcciones Internet:
Dirección del perfil de comprador:
[7]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=VPpvGdSmXr0%3D
I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Defensa
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Servicios de consultoría asociados al planeamiento, tecnologías y
seguridad para la Subdirección General de Tecnologias de la Informacion
y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Servicios
Código NUTS ES
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Servicios de consultoría asociados al planeamiento, tecnologías y
seguridad para la Subdirección General de Tecnologias de la Informacion
y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
72600000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 173 034,26 EUR
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
1004215015900
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 198-359748 de 13.10.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 100421501595 Lote Nº: 05 - Denominación: Servicios de
apoyo a las actividades del Laboratorio de Seguridad de la Información
a análisis de vulnerabilidades
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22.12.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Everis Spain, S.L.U.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 159 825,15 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 173 034,26 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erstellen von Adressenlisten, Postversand - DE-München
Erstellen von Adressenlisten, Postversand
Dokument Nr...: 11973-2016 (ID: 2016011409140849693)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
DE-München: Erstellen von Adressenlisten, Postversand
2016/S 9/2016 11973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bayer. Landesamt für Steuern
Sophienstr. 6
Zu Händen von: Claudia Eder
80333 München
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8999911572
E-Mail: [6]ausschreibung@lfst.bayern.de
Fax: +49 8999911510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.lfst.bayern.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Erklärungsversand 2015-2017.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Vorbereitung des zentralen Versands der
Einkommensteuererklärungsvordrucke 2015 bis 2017 (je ca. 1 200 000
Sendungen) für Bayern einschl. Erstellen von Vorlegeblättern und
Portooptimierung. Durchführung der Maßnahme jährlich jeweils ca. 20.
Nov. 20. Dez.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79570000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
2014CED000002/H 1620.2.1-367
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 013-019439 vom 20.1.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
26.3.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
arvato direct services Gütersloh GmbH
An der Autobahn 300
33333 Gütersloh
DEUTSCHLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12.1.2016
References
6. mailto:ausschreibung@lfst.bayern.de?subject=TED
7. http://www.lfst.bayern.de/
8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019439-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - UK-London
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Softwarepaket und Informationssysteme
Dokument Nr...: 12073-2016 (ID: 2016011409151349788)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
UK-London: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
2016/S 9/2016 12073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Financial Conduct Authority
25 The North Colonnade
Zu Händen von: Richard Pearson
E14 5HS London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2070661000
E-Mail: [4]richard.pearson@fca.org.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.fca.org.uk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72000000, 48000000
Beschreibung
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
Softwarepaket und Informationssysteme.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Niedrigstes Angebot 2 500 000 und höchstes Angebot 5 000 000 GBP
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: ACT-15-010
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Amazon Web Services
V.4)Angaben zum Auftragswert
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 60
References
4. mailto:richard.pearson@fca.org.uk?subject=TED
5. http://www.fca.org.uk/
OT: 14/01/2016 S9 - - Services - Contract award notice - Open
procedure
United Kingdom-London: IT services: consulting, software development,
Internet and support
2016/S 009-012073
Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Financial Conduct Authority
25 The North Colonnade
For the attention of: Richard Pearson
E14 5HS London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2070661000
E-mail: [6]richard.pearson@fca.org.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.fca.org.uk
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Economic and financial affairs
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
ACT-15-010 Provision of Cloud Hosting Services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 7: Computer and related services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
UK.
NUTS code UK
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
The FCA is seeking to leverage mature Cloud IT capabilities in order to
improve service value and control risk.
This forms part of the FCA Technology strategy where there is a desire
to use Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service
capabilities (PaaS).
It is therefore looking to secure a Cloud Hosting Services Provider to
support both new FCA solution demand and be able to service existing
and legacy applications migrated to a Virtual Private Cloud (VPC)
estate.
The objective of this procurement is to secure a Hosting Service
Provider with sufficient depth of core capabilities, breadth of value
add services, established licensing arrangements and competitive
pricing positions.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
72000000, 48000000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Lowest offer 2 500 000 and highest offer 5 000 000 GBP
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
ACT-15-010
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Section V: Award of contract
Contract No: ACT-15-010
V.1)Date of contract award decision:
12.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 12
Number of offers received by electronic means: 12
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Amazon Web Services
V.4)Information on value of contract
If annual or monthly value:
Number of months: 60
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
The Contracting Authority intends to use an eTendering system in this
procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
As detailed in Section I
Body responsible for mediation procedures
As detailed in Section I
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
As detailed in Section I
VI.4)Date of dispatch of this notice:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - PL-Tarnobrzeg
Versicherungen
Dokument Nr...: 12173-2016 (ID: 2016011409160049889)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
PL-Tarnobrzeg: Versicherungen
2016/S 9/2016 12173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Zu Händen von: Maria Matyka-Bandurka
39-400 Tarnobrzeg
POLEN
Telefon: +48 158123208
E-Mail: [4]przetargi@szpitaltbg.pl
Fax: +48 158123208
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.szpitaltbg.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66510000
Beschreibung
Versicherungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 351 753,72 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie
ul. Sokoa 4
35-010 Rzeszów
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 360 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 315 622 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
STU Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 60 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 36 131,72 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
References
4. mailto:przetargi@szpitaltbg.pl?subject=TED
5. http://www.szpitaltbg.pl/
OT: 14/01/2016 S9 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Tarnobrzeg: Usugi ubezpieczeniowe
2016/S 009-012173
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Osoba do kontaktów: Maria Matyka-Bandurka
39-400 Tarnobrzeg
POLSKA
Tel.: +48 158123208
E-mail: [6]przetargi@szpitaltbg.pl
Faks: +48 158123208
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.szpitaltbg.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usuga kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 6: Usugi finansowe a) Usugi ubezpieczeniowe b)
Usugi bankowe i inwestycyjne
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie zostao podzielone na nastpujce czci (pakiety).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo zoenia oferty na dowoln liczb
pakietów.
Pakiet I
1. Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu
wykonujcego dziaalno lecznicz
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu
prowadzonej dziaalnoci pozamedycznej i posiadanego mienia
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ywioów
4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stuczenia
5. Ubezpieczenie mienia od kradziey z wamaniem i rabunku oraz ryzyka
dewastacji
6. Ubezpieczenie sprztu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
7. Ubezpieczenie maszyn od awarii
8. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu
prowadzenia dziaalnoci medycznej.
Pakiet II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
66510000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 1 351 753,72 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Warunki ubezpieczenia. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
131/2015/N/Tarnobrzeg
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 209-380063 z dnia 28.10.2015
Inne wczeniejsze publikacje
Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 232-421870 z dnia 1.12.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet I
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Towarzystwo Ubezpiecze Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Rzeszowie
ul. Sokoa 4
35-010 Rzeszów
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 360 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 315 622 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet II
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
STU Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 11
44-100 Gliwice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 60 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 36 131,72 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcy, a
take innemu podmiotowi, przysuguj rodki ochrony prawnej okrelone w
dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych, jeeli ma lub mia interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w
wyniku naruszenia przez zamawiajcego przepisów ustawy.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych Departament Odwoa
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [12]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [13]www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Schachtaushubmaschinen - RO-Medias
Teile für Schachtaushubmaschinen
Dokument Nr...: 12273-2016 (ID: 2016011409172949990)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
RO-Medias: Teile für Schachtaushubmaschinen
2016/S 9/2016 12273
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA, Soseaua Sibiului nr.
5, Serviciul Contracte, Zu Händen von: Popa Elena, Medias 551129,
RUMÄNIEN. Telefon: +40 269805133. Fax: +40 269830283. E-Mail:
elena.popa@romgaz.ro
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
248-452952)
Betr.:
CPV:43612000
Teile für Schachtaushubmaschinen
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 11.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452952-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 14/01/2016 S9 - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Medias: Piese pentru utilaje de sonde de extracie
2016/S 009-012273
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA, Soseaua Sibiului nr.
5, Serviciul Contracte, În atenia: Popa Elena, Medias 551129, ROMÂNIA.
Telefon: +40 269805133. Fax: +40 269830283. E-mail:
elena.popa@romgaz.ro
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 23.12.2015,
[1]2015/S 248-452952)
În ceea ce privete:
CPV:43612000
Piese pentru utilaje de sonde de extracie
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 11.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Installation von Zentralheizungen - SE-Malmö
Installation von Zentralheizungen
Kesselanlagen
Reparatur und Wartung von Anlagen
Schweißarbeiten
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 12373-2016 (ID: 2016011409183150086)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
SE-Malmö: Installation von Zentralheizungen
2016/S 9/2016 12373
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
Box 503 44
Zu Händen von: Sofie Jakandré
SE-202 13 Malmö
SCHWEDEN
E-Mail: [4]sofie.jakandre@sysav.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45331100, 42160000, 45259000, 45262680, 50720000
Beschreibung
Installation von Zentralheizungen.
Kesselanlagen.
Reparatur und Wartung von Anlagen.
Schweißarbeiten.
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 1
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Slovwelding s.r.o.
Mudrunova 35
93401 Levice
SLOWAKEI
Internet-Adresse: slovwelding.sk
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 2
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Pilum Envipower AB
Lundv. 6 B
SE-818 33 Valbo
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [5]www.envipower.se
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:sofie.jakandre@sysav.se?subject=TED
5. http://www.envipower.se/
OT: 14/01/2016 S9 - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet
förfarande
Sverige-Malmö: Installation av centralvärme
2016/S 009-012373
Meddelande om tilldelning av kontrakt försörjningssektorerna
Direktiv 2004/17/EG
Avsnitt I: Upphandlande enhet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag
Box 503 44
Att: Sofie Jakandré
SE-202 13 Malmö
SVERIGE
E-post: [6]sofie.jakandre@sysav.se
I.2)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme
I.3)Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Ramavtal för underhållsarbeten i pannor och kringutrustning inkl.
licenssvetsning.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Skåne län.
NUTS-kod SE224
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Upphandlingens huvudsakliga syfte är att köpa in reparations- och
underhållsarbeten inklusive licenssvetsning för pannor med
kringutrustning (roster m.m.) till Sysavs förbränningsanläggning i
Malmö. Arbetena kommer att utföras dels som en del i Sysavs tekniska
revision under vecka 1839 (härefter benämnda planerade arbeten) och
dels som akuta arbeten. Sysav kommer att anta maximalt fyra (4)
leverantörer i rangordning. Leverantören skall tillhandahålla för
tjänsternas utförande erforderlig utrustning i enlighet med detta
förfrågningsunderlag jämte bilagor.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45331100, 42160000, 45259000, 45262680, 50720000
II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
368/14
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
Meddelande om upphandling
Meddelandenummer i EUT: [7]2014/S 210-372820 av den 31.10.2014
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 1
Benämning: Slovwelding s.r.o
V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.1.2015
V.1.2)Information om anbuden
V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Slovwelding s.r.o.
Mudrunova 35
93401 Levice
SLOVAKIEN
Internetadress: slovwelding.sk
V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.1.5)Information om underentreprenader
V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp
V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 2
Benämning: Pilum Envipower AB
V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.1.2015
V.1.2)Information om anbuden
V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Pilum Envipower AB
Lundv. 6 B
SE-818 33 Valbo
SVERIGE
Internetadress: [8]www.envipower.se
V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.1.5)Information om underentreprenader
V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
Visma TendSign-annons: [9]http://www.opic.com/notice.asp?req=dibvcnnl
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Krankenhausbetten - CH-Ittigen
Krankenhausbetten
Dokument Nr...: 12473-2016 (ID: 2016011409193250179)
Veröffentlicht: 14.01.2016
*
CH-Ittigen: Krankenhausbetten
2016/S 9/2016 12473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Logistikbasis der Armee Sanität Armeeapotheke
Worblentalstraße 36
3063 Ittigen
SCHWEIZ
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
252 medizinische Betten für KSD-Spitäler.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33192120
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [6]2015/S 169-309038 vom 2.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
6.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIFTAC (Schweiz) AG
Werdenstraße 72
9472 Grabs
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 814 453,95 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 893519.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
References
6. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309038-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 14/01/2016 S9 - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene
Aufträge - Offenes Verfahren
die Schweiz-Ittigen: Krankenhausbetten
2016/S 009-012473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Logistikbasis der Armee Sanität Armeeapotheke
Worblentalstraße 36
3063 Ittigen
SCHWEIZ
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
252 medizinische Betten für KSD-Spitäler.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33192120
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [6]2015/S 169-309038 vom 2.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
6.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIFTAC (Schweiz) AG
Werdenstraße 72
9472 Grabs
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 814 453,95 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB
innerhalb 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine
Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind
beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 11.1.2016, Dok. 893519.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FI-Hämeenlinna
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 12573-2016 (ID: 2016011509012450344)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FI-Hämeenlinna: Bauarbeiten
2016/S 10/2016 12573
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
1972415-6
PL1000
Kontaktstelle(n): Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
Zu Händen von: Timo Saviniemi
FI-13101 Hämeenlinna
FINNLAND
Telefon: +358 36212112
E-Mail: [4]timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.hmlliikuntahallit.fi/
Weitere Auskünfte erteilen: Linnan Kiinteistökehitys Oy
1059269-5
Visamäentie 33
Zu Händen von: Teemu Haaja
FI-13100 Hämeenlinna
FINNLAND
Telefon: +358 404551040
E-Mail: [6]teemu.haaja@linnan.fi
Internet-Adresse: [7]http://linnan.fi/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Linnan
Kiinteistökehitys Oy
Visamäentie 33
Zu Händen von: Teemu Haaja
FI-13100 Hämeenlinna
FINNLAND
Telefon: +358 404551040
E-Mail: [8]teemu.haaja@linnan.fi
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000
Beschreibung
Bauarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 23.2.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Finnisch.
References
4. mailto:timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi?subject=TED
5. http://www.hmlliikuntahallit.fi/
6. mailto:teemu.haaja@linnan.fi?subject=TED
7. http://linnan.fi/
8. mailto:teemu.haaja@linnan.fi?subject=TED
OT: 15/01/2016 S10 - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely
Suomi-Hämeenlinna: Rakennustyöt
2016/S 010-012573
Hankintailmoitus
Rakennusurakat
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
1972415-6
PL1000
Yhteyspiste(et): Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy
Vastaanottaja: Timo Saviniemi
FI-13101 Hämeenlinna
SUOMI
Puhelin: +358 36212112
Sähköpostiosoite: [6]timo.saviniemi@hmlliikuntahallit.fi
Internet-osoite (-osoitteet):
Hankintaviranomaisen yleisosoite: [7]http://www.hmlliikuntahallit.fi/
Osoite, josta saa lisätietoja: Linnan Kiinteistökehitys Oy
1059269-5
Visamäentie 33
Vastaanottaja: Teemu Haaja
FI-13100 Hämeenlinna
SUOMI
Puhelin: +358 404551040
Sähköpostiosoite: [8]teemu.haaja@linnan.fi
Internet-osoite: [9]http://linnan.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Linnan Kiinteistökehitys Oy
Visamäentie 33
Vastaanottaja: Teemu Haaja
FI-13100 Hämeenlinna
SUOMI
Puhelin: +358 404551040
Sähköpostiosoite: [10]teemu.haaja@linnan.fi
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: kunnan omistama liikuntahalliyhtiö
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
puolesta: ei
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Hämeenlinnan Uimahalli, peruskorjaus ja laajennus.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Hämeenlinna.
NUTS-koodi FI184
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankinnan kohde
Hämeenlinnan uimahallin peruskorjaaminen sekä uudisrakentamisena
toteutettavan sisäliikunta- ja aputiloja sisältävän laajennusosan
rakentaminen.
Peruskorjaus sisältää eri tilakokonaisuuksia, joissa toteutetaan eri
tasoisia toimenpiteitä raskaasta peruskorjaamisesta kevyeen
pintasaneeraukseen. Peruskorjattavien olemassa olevien tilojen
kokonaisala on n. 6 400 brm².
Laajennusosan kokonaisala on n. 1 520 brm².
Urakkamuotona kokonaisurakka sisältäen peruskorjauksen ja laajennuksen
valmiiksi saattamiseksi tarvittavat työt, sisältäen mm. pilaantuneiden
maiden maanrakennustyöt, maanrakennustyöt, vihertyöt, rakennustekniset
työt, LVIAS-työt sekä vedenkäsittelyjärjestelmän työt.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
45000000
II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 10 000 000 ja 11 000 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 16 (sopimuksen tekemisestä)
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
koskeviin määräyksiin:
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Tarjoajayritys täyttää tilaajavastuulain (1233/2006 ja
muutos 470/2012) mukaiset vaatimukset.
Vaadittava selvitys: Tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 470/2012)
mukaiset suomenkieliset todistukset:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnanta-jarekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten
rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys
siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntynei-tä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista;
6) tapaturmavakuutustodistus;
7) todistus työterveyshuollon järjestämisestä tai
RALA-todistus (kohtien 1-7 sijasta) tai
Ilmoitus, että yritys on liittynyt Tilaajavastuu.fi- palveluun ja
kohtien 1-7 mukaiset vaatimukset ovat kunnossa.
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta
vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: 1) Selvitys urakoitsijan liikevaihdosta kahdelta
viimeisimmältä täydeltä tilikaudelta tai muu vastaava selvitys.
2) Todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.
3) Selvitys yrityksen luottokelpoisuusluokasta Suomen Asiakastieto Oy:n
(tai vastaavan luokituslaitoksen) luottokelpoisuusluokituksessa.
Tarjoaja voi toimittaa arvion luottoluokituksesta myös muilla tavoin
kuin soveltamalla Rating Alfa-asteikolla, mutta tällöin tarjoajan tulee
ilmoittaa tarjouksessaan, että mitä Rating Alfa-asteikon luokkaa
tar-joajan esittämä luottoluokitus vastaa.
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta
vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 1)
Tarjoajayrityksen liikevaihdon keskiarvo kahdelta viimeiseltä täydeltä
tilikaudelta on vähintään 20 000 000 EUR (20 miljoonaa euroa).
2) Tarjoajayrityksellä on urakan toiminnan kattava voimassaoleva
vastuuvakuutus.
3) Tarjoajayritys kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa
luotto-kelpoisuusluokituksessa vähintään luokkaan A+ (tyydyttävä+).
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä:
1) Selvitys yrityksen valmistuneista referensseistä pääurakoitsijana
vastaavissa kohteissa Suomessa viideltä viimeiseltä vuodelta
(rakennusvalvonnan suorittama käyttöönottokatselmus on pidetty
31.12.2010 jälkeen).
Vastaavaksi kohteeksi luettavan kohteen tulee täyttää kaikki seuraavat
ehdot:
o kohde sijaitsee Suomessa
o kohde on muun kuin asuin-, liike-, toimisto- tai
teollisuusrakennuksen (esim. liikuntapaikkarakennus, monitoimitalo,
koulu, päiväkoti tms.) laajamittainen peruskorjaaminen tai
uudisrakentaminen.
o kohteen kerrosala on yhteensä vähintään 3 000 k-m²
o urakoitsijan on täytynyt toimia hankkeessa pääurakoitsijana ja
päätoteuttajana ja hankkeen urakkamuoto on ollut kokonaisurakka, jaettu
urakka, KVR-urakka tai elinkaarimallilla toteutettu urakka:
2) Selvitys yrityksen käyttämästä laadunvarmistusjärjestelmästä.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
1) Tarjoajayritys on toteuttanut viiden viimeisen vuoden aikana
vähintään kolme vastaavaa kohdetta.
2) Tarjoajayrityksellä on sertifioitu laatujärjestelmä.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Ennakkotietoilmoitus
, 6.11.2015
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:
23.2.2016 - 12:00
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
ei
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa sähköisessä muodossa
ilmoituksessa olevan linkin kautta.
Ilmoituksessa olevan linkin klikkaamisen jälkeen klikkaaja saa
järjestelmältä sähköpostiviestin, jonka sisältämästä linkistä pääsee
yhteystiedot kirjaamalla tekemään tarjouspyyntöasiakirjatilauksen.
Tämän jälkeen tulee uusi sähköpostiviesti, jonka sisältämästä linkistä
pääsee lataamaan tarjouspyyntöasiakirjat omalle tietokoneelle.
Huomioitava on, että järjestelmän lähettämät sähköpostit saattavat
joissakin tapauksissa ohjautua roskapostikansioon.
Mikäli lataukseen liittyy ongelmia, tulee olla sähköpostitse yhteydessä
osoitteeseen: [11]helpdesk@sokopro.fi ja samalla saattaa tieto
ongelmista sähköpostitse osoitteeseen: [12]teemu.haaja@linnan.fi
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee
sähkö-postitse ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 14 vrk ennen
laskenta-ajan päät-tymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat
lisäselvitykset tulee rakennuttaja sähköpostitse toimittamaan kootusti
kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille
samanaikaisesti sähköisenä aineistona viimeistään 7 vrk ennen
laskenta-ajan päättymistä. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa
sitoviksi.
Tarjoajan tulee toimittaa rakennuttajakonsultille viimeistään 14 vrk
ennen las-kenta-ajan päättymistä tiedoksi voimassa oleva ja toimiva
tarjoajan sähköpos-tiosoite.
Tarjoaja on itse vastuussa, että rakennuttajalla on tiedossa voimassa
oleva ja toimiva sähköpostiosoite, johon mahdolliset lisäselvitykset
lähetetään.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [13]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [14]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rohbauarbeiten - FR-Lille
Rohbauarbeiten
Dokument Nr...: 12673-2016 (ID: 2016011509022350438)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FR-Lille: Rohbauarbeiten
2016/S 10/2016 12673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
151 avenue du Président Hoover
Zu Händen von: M. le président
59555 Lille Cedex
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45223220
Beschreibung
Rohbauarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 102 038,76 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SAS Demathieu et bard construction Nord
ZI de la Pilaterie, rue de la Couture
59700 Marcq-en-Baroeul
Telefon: +33 359083610
Fax: +33 328326754
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 174 212,26 EUR
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Coexia Enveloppe
Agence Avesnois, 29 rue Charles Sery
59440 Avesnelles
Telefon: +33 327611008
Fax: +33 327610927
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 464 841,75 EUR
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
EPM
1 avenue Kennedy
62000 Arras
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 204 019,98 EUR
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Cannata SA
277 boulevard Henri Martel, BP 14
62210 Avion
Telefon: +33 321430119
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 146 020 EUR
Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Coexia Electric
ZA La Croisette, 5 rue de l'Abbé Jersy Popieluszko
62300 Lens
Telefon: +33 321737235
Fax: +33 321733500
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 20 922,68 EUR
Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Coexia Énergies
5 rue de l'Abbé Popieluszko, ZA la Croisette
62301 Lens Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 62 049 EUR
Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Entreprise Veret
46 rue Jean-Jaurès, BP 5
62217 Beaurains
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 29 973,09 EUR
References
OT: 15/01/2016 S10 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Lille: Travaux de gros uvre
2016/S 010-012673
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
151 avenue du Président Hoover
À l'attention de: M. le président
59555 Lille Cedex
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: 800 rue Léon Blum, 62251 Henin Beaumont
Code NUTS FR3
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Réalisation de travaux patrimoniaux Lycée Louis Pasteur à Henin
Beaumont (bassin nº 11).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 1 102 038,76 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 70
2. Valeur technique. Pondération 20
3. Valeur technique: méthodologie d'organisation du chantier.
Pondération 5
4. Valeur technique: qualité, durabilité et fiabilité des matériaux.
Pondération 5
5. Valeur technique: procédure d'autocontrôle. Pondération 5
6. Valeur technique: modalités de mise en uvre des opérations
postérieures à la réception du bâtiment. Pondération 5
7. Performances en matière de protection de l'environnement pour
atteindre les cibles H.Q.E. visées au marché. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 157-287719 du 15.8.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Marché 152991
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SAS Demathieu et bard construction Nord
ZI de la Pilaterie, rue de la Couture
59700 Marcq-en-Baroeul
Téléphone: +33 359083610
Fax: +33 328326754
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 174 212,26 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 2 - Intitulé: Marché 152992
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Coexia Enveloppe
Agence Avesnois, 29 rue Charles Sery
59440 Avesnelles
Téléphone: +33 327611008
Fax: +33 327610927
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 464 841,75 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 3 - Intitulé: Marché 152993
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
EPM
1 avenue Kennedy
62000 Arras
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 204 019,98 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 4 - Intitulé: Marché 152994
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Cannata SA
277 boulevard Henri Martel, BP 14
62210 Avion
Téléphone: +33 321430119
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 146 020 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 6 - Intitulé: Marché 152995
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Coexia Electric
ZA La Croisette, 5 rue de l'Abbé Jersy Popieluszko
62300 Lens
Téléphone: +33 321737235
Fax: +33 321733500
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 20 922,68 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 7 - Intitulé: Marché 152996
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Coexia Énergies
5 rue de l'Abbé Popieluszko, ZA la Croisette
62301 Lens Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 62 049 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Lot nº: 8 - Intitulé: Marché 152997
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Entreprise Veret
46 rue Jean-Jaurès, BP 5
62217 Beaurains
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 29 973,09 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Lot 5: déclaré sans suite. Le présent avis vaut publicité de la
conclusion du ou des contrat(s). Conformément aux dispositions de la
loi nº 78.753 du 17.7.1978 modifiée, le ou les contrat(s) pourront être
communiqués sur simple demande adressée à la direction des achats et de
la Commande Publique ou consultés sur place sur rendez-vous.
Information sur les fonds de l'Union européenne: non
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée
59000 Lille
E-mail: [7]greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 320631300
Adresse internet: [8]http://lille.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 320631347
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Les
candidats évincés peuvent introduire: un référé contractuel dans un
délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution
au journal officiel de l'Union européenne conformément aux dispositions
de l'article R551.7 du code de justice administrative. un recours
pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de leur candidature
ou de leur offre, ou contre les actes détachables du marché dans un
délai de 2 mois suivant notification ou publication de la décision
attaquée conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de
justice administrative. un recours de plein contentieux contestant la
validité du marché ou de certaines de ces clauses qui en sont
divisibles, dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de publicité de
la conclusion du marché. Le code de justice administrative est
consultable sur le site: [9]www.legifrance.gouv.fr Pour plus
d'information, s'adresser au greffe du tribunal administratif de Lille.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reagentien und Kontrastmittel - RO-Cluj-Napoca
Reagentien und Kontrastmittel
Dokument Nr...: 1273-2016 (ID: 2016010509022738596)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
RO-Cluj-Napoca: Reagentien und Kontrastmittel
2016/S 2/2016 1273
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Str. Clinicilor nr. 3-5, Zu
Händen von: Paul Risnita, Cluj-Napoca 400006, RUMÄNIEN. Telefon: +40
264592771. Fax: +40 264590235. E-Mail: aprovizionare@scj-cj.rdscj.ro
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 21.11.2015, [1]2015/S
226-411074)
Betr.:
CPV:33696000
Reagentien und Kontrastmittel
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 31.12.2015 se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411074-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 05/01/2016 S2 - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Cluj-Napoca: Reactivi i produse de contrast
2016/S 002-001273
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Str. Clinicilor nr. 3-5, În
atenia: Paul Risnita, Cluj-Napoca 400006, ROMÂNIA. Telefon: +40
264592771. Fax: +40 264590235. E-mail: aprovizionare@scj-cj.rdscj.ro
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 21.11.2015,
[1]2015/S 226-411074)
În ceea ce privete:
CPV:33696000
Reactivi i produse de contrast
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 31.12.2015 se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Glühbirnen - RO-Bucuresti
Glühbirnen
Dokument Nr...: 12773-2016 (ID: 2016011509030850548)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
RO-Bucuresti: Glühbirnen
2016/S 10/2016 12773
Administratia Strazilor Bucuresti, Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1,
Zu Händen von: Carmen Tircovnicu , Bucuresti 010941, RUMÄNIEN. Telefon:
+40 213138170. Fax: +40 213138170. E-Mail: admstrpmb@aspmb.ro
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 1.12.2015, [1]2015/S
232-421405)
Betr.:
CPV:31531000
Glühbirnen
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 12.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421405-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 15/01/2016 S10 - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Bucuresti: Becuri
2016/S 010-012773
Administratia Strazilor Bucuresti, Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1,
În atenia: Carmen Tircovnicu , Bucuresti 010941, ROMÂNIA. Telefon: +40
213138170. Fax: +40 213138170. E-mail: admstrpmb@aspmb.ro
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 1.12.2015,
[1]2015/S 232-421405)
În ceea ce privete:
CPV:31531000
Becuri
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 12.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Softwarepaket für das Beschaffungswesen - NL-Nimwegen
Softwarepaket für das Beschaffungswesen
Dokument Nr...: 12873-2016 (ID: 2016011509040550653)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
NL-Nimwegen: Softwarepaket für das Beschaffungswesen
2016/S 10/2016 12873
Vorinformation
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Radboud Universitair Medisch Centrum
221778972
Geert Grooteplein-Zuid 10
Zu Händen von: Milou van Teeffelen
6525 GA Nijmegen
NIEDERLANDE
Telefon: +31 243092751
E-Mail: [3]milou.vanteeffelen@radboudumc.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]http://www.radboudumc.nl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
48490000
Beschreibung
Softwarepaket für das Beschaffungswesen .
References
3. mailto:milou.vanteeffelen@radboudumc.nl?subject=TED
4. http://www.radboudumc.nl/
OT: 15/01/2016 S10 - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep
tot mededinging - Niet van toepassing
Nederland-Nijmegen: Aankoopsoftware
2016/S 010-012873
Vooraankondiging
Leveringen
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Radboud Universitair Medisch Centrum
221778972
Geert Grooteplein-Zuid 10
Ter attentie van: Milou van Teeffelen
6525 GA Nijmegen
NEDERLAND
Telefoon: +31 243092751
E-mail: [5]milou.vanteeffelen@radboudumc.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [6]http://www.radboudumc.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)
II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Marktconsultatie online leeromgeving.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Leveringen
Nijmegen.
NUTS-code NL
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van
de leveringen of de diensten:
Marktconsultatie in voorbereiding op een aanbesteding voor de aanschaf
van een online leeromgeving.
Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
48490000
II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.8)Nadere inlichtingen:
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
inlichtingen
III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Netzausrüstung - FR-Neuilly-sur-Marne
Netzausrüstung
Ausrüstung für Telefonnetze
Computerbezogene Geräte
Dokument Nr...: 12973-2016 (ID: 2016011509051250749)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FR-Neuilly-sur-Marne: Netzausrüstung
2016/S 10/2016 12973
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
EPS de Ville-Evrard
DAHL cellule des marchés
Zu Händen von: Mme Pierson Antoinette, adjoint des cadres
93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 143093422
E-Mail: [4]a.pierson@epsve.fr
Fax: +33 143093034
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
6_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: EPS
le dossier de consultation est téléchargeable à l'aide du lien https
figurant au profil acheteur. Il peut également etre transmis au
candidat qui en fait la demande par mail, télécopie ou courrier
Nsm
E-Mail: [6]a.pierson@epsve.fr
Fax: +33 143093034
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32420000, 32429000, 30230000
Beschreibung
Netzausrüstung.
Ausrüstung für Telefonnetze.
Computerbezogene Geräte.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:a.pierson@epsve.fr?subject=TED
5. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
6. mailto:a.pierson@epsve.fr?subject=TED
OT: 15/01/2016 S10 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Neuilly-sur-Marne: Matériel de réseau
2016/S 010-012973
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
EPS de Ville-Evrard
DAHL cellule des marchés
À l'attention de: Mme Pierson Antoinette, adjoint des cadres
93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 143093422
E-mail: [6]a.pierson@epsve.fr
Fax: +33 143093034
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[7]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
6_QmQIWT0z0W&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: EPS
le dossier de consultation est téléchargeable à l'aide du lien https
figurant au profil acheteur. Il peut également etre transmis au
candidat qui en fait la demande par mail, télécopie ou courrier
Nsm
E-mail: [8]a.pierson@epsve.fr
Fax: +33 143093034
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Établissement public
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Matériels «Réseau» , de sécurité et de téléphonie sur IP.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de laccord-cadre
Durée en années: 4
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Matériels «Réseau» , de sécurité et de téléphonie sur IP.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32420000, 32429000, 30230000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
VE/DAHL 7/2016
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
23.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
206 rue de Paris
93100 Montreuil-sous-Bois
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Operationstechnik - IT-Florenz
Operationstechnik
Dokument Nr...: 13073-2016 (ID: 2016011509055850845)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
IT-Florenz: Operationstechnik
2016/S 10/2016 13073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ESTAR Ente Supporto Tecnico e Ammministrativo Regionale
Via San Salvi 12
Zu Händen von: dr.ssa Marina Anemone
50138 Firenze
ITALIEN
Telefon: +49 0577769438
E-Mail: [4]m.anemone@estar.toscana.it
Fax: +49 0577769912
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.estar.toscana.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33160000
Beschreibung
Operationstechnik.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 386 400 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Urology Diagnostic
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 441 600 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 386 400 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 3
References
4. mailto:m.anemone@estar.toscana.it?subject=TED
5. http://www.estar.toscana.it/
OT: 15/01/2016 S10 - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
Procedura aperta
Italia-Firenze: Tecnica operatoria
2016/S 010-013073
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ESTAR Ente Supporto Tecnico e Ammministrativo Regionale
Via San Salvi 12
All'attenzione di: dr.ssa Marina Anemone
50138 Firenze
ITALIA
Telefono: +49 0577769438
Posta elettronica: [6]m.anemone@estar.toscana.it
Fax: +49 0577769912
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.estar.toscana.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Servizio Sanitario Regionale
I.3)Principali settori di attività
Salute
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: sì
USL 8 di Arezzo
Via Curtatone 53
Arezzo
ITALIA
USL 9 Grosseto
Via Cimabue 103
Grosseto
ITALIA
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per l'affidamento del
servizio di litotripsia extracorporea da eseguire presso le ex Aziende
USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto ora Azienda USL Toscana Sud Est.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Codice NUTS ITE1
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per l'affidamento del
servizio di litotripsia extracorporea da eseguire presso le ex Aziende
USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto ora Azienda USL Toscana Sud Est.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33160000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 386 400 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 30
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2014/S 201-355134 del 18.10.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità
telematica, per l'affidamento del servizio di litotripsia extracorporea
da eseguire presso le ex Aziende USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto
ora Azienda USL Toscana Sud Est
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
11.1.2016
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Urology Diagnostic
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
Valore: 441 600 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 386 400 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 3
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Tomografie - RO-Fetesti
Ausrüstung für Tomografie
Installation von bildgebenden Geräten
Ausbildung im medizinischen Bereich
Dokument Nr...: 13173-2016 (ID: 2016011509070150935)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
RO-Fetesti: Ausrüstung für Tomografie
2016/S 10/2016 13173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti
Str. Calarasi nr. 549
Zu Händen von: Radulescu Valentin
925150 Fetesti
RUMÄNIEN
Telefon: +40 243361905
E-Mail: [4]achizitii@spitalfetesti.ro
Fax: +40 243361902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spitalfetesti.ro
Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33115000, 51411000, 80320000
Beschreibung
Ausrüstung für Tomografie.
Installation von bildgebenden Geräten.
Ausbildung im medizinischen Bereich.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 700 000 RON
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 02
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Siemens SRL
B-dul Preciziei nr. 24, imobil H3, et. 3-5
060011 Bucuresti
RUMÄNIEN
E-Mail:
[7]vasile.cristea@siemens.com, [8]dana.david@siemens.com, [9]mirel.vele
a@siemens.com, [10]mona.musat@siemens.com, [11]nicolae.miscoci@siemens.
com, [12]valentin.pavel@siemens.com, [13]radu.leocovici@siemens.com, [1
4]cristina.codescu@siemens.com, [15]ciprian.dumitrascu@siemens.com, [16
]octavian.popescu@siemens.com, [17]florin.niculescu@siemens.com, [18]pe
trisor.visan@siemens.com, [19]corneliu.cristea@siemens.com, [20]ovidiu.
miron@siemens.com, [21]ciceroni.murarescu@siemens.com, [22]laurentiu.fr
umuselu@siemens.com
Telefon: +40 216296401
Internet-Adresse: [23]www.siemens.com
Fax: +40 216296552
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 764 000 RON
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 700 000 RON
ohne MwSt
References
4. mailto:achizitii@spitalfetesti.ro?subject=TED
5. http://www.spitalfetesti.ro/
6. http://www.e-licitatie.ro/
7. mailto:vasile.cristea@siemens.com?subject=TED
8. mailto:dana.david@siemens.com?subject=TED
9. mailto:mirel.velea@siemens.com?subject=TED
10. mailto:mona.musat@siemens.com?subject=TED
11. mailto:nicolae.miscoci@siemens.com?subject=TED
12. mailto:valentin.pavel@siemens.com?subject=TED
13. mailto:radu.leocovici@siemens.com?subject=TED
14. mailto:cristina.codescu@siemens.com?subject=TED
15. mailto:ciprian.dumitrascu@siemens.com?subject=TED
16. mailto:octavian.popescu@siemens.com?subject=TED
17. mailto:florin.niculescu@siemens.com?subject=TED
18. mailto:petrisor.visan@siemens.com?subject=TED
19. mailto:corneliu.cristea@siemens.com?subject=TED
20. mailto:ovidiu.miron@siemens.com?subject=TED
21. mailto:ciceroni.murarescu@siemens.com?subject=TED
22. mailto:laurentiu.frumuselu@siemens.com?subject=TED
23. http://www.siemens.com/
OT: 15/01/2016 S10 - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
deschis
România-Fetesti: Aparate de tomografie
2016/S 010-013173
Anun de atribuire a contractului
Produse
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti
Str. Calarasi nr. 549
În atenia: Radulescu Valentin
925150 Fetesti
ROMÂNIA
Telefon: +40 243361905
E-mail: [6]achizitii@spitalfetesti.ro
Fax: +40 243361902
Adres (adrese) Internet:
Adresa general a autoritii contractante: [7]www.spitalfetesti.ro
Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
I.2)Tipul autoritii contractante
Altele: unitate sanitara cu paturi (spital)
I.3)Activitate principal
Sntate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului
Achizitie echipament de tomografie computerizata multislice cu sistem
de postprocesare
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumprare
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Sediul institutiei, Str. Calarasi nr. 549, mun. Fetesti, jud. Ialomita.
Cod NUTS RO315
II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
dinamic (SAD)
Anunul implic încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Achizitie echipament de tomografie computerizata multislice cu sistem
de postprocesare furnizare, montare si punere in functiune si
instruirea personalului utilizator.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
33115000, 51411000, 80320000
II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): da
II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
Valoare: 1 700 000 RON
Fr TVA
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschis
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
S-a organizat o licitaie electronic: nu
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
Anun de participare
Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 208-377268 din 27.10.2015
Seciunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 02 Denumire: Acord-cadru furnizare echipament de
tomografie computerizata multislice cu sistem de postprocesare
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
5.1.2016
V.2)Informaii privind ofertele
Numrul de oferte primite: 1
V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
o decizie de atribuire a contractului
Siemens SRL
B-dul Preciziei nr. 24, imobil H3, et. 3-5
060011 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail:
[10]vasile.cristea@siemens.com, [11]dana.david@siemens.com, [12]mirel.v
elea@siemens.com, [13]mona.musat@siemens.com, [14]nicolae.miscoci@sieme
ns.com, [15]valentin.pavel@siemens.com, [16]radu.leocovici@siemens.com,
[17]cristina.codescu@siemens.com, [18]ciprian.dumitrascu@siemens.com,
[19]octavian.popescu@siemens.com, [20]florin.niculescu@siemens.com, [21
]petrisor.visan@siemens.com, [22]corneliu.cristea@siemens.com, [23]ovid
iu.miron@siemens.com, [24]ciceroni.murarescu@siemens.com, [25]laurentiu
.frumuselu@siemens.com
Telefon: +40 216296401
Adres Internet: [26]www.siemens.com
Fax: +40 216296552
V.4)Informaii privind valoarea contractului
Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
Valoare: 1 764 000 RON
Fr TVA
Valoarea total final a contractului:
Valoare: 1 700 000 RON
Fr TVA
V.5)Informaii privind subcontractarea
Este posibil subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor
teri:
Procent: 10 %
Descriere succint a valorii/procentului din contract care urmeaz s
fie subcontractat: Ofertantul declara faptul ca va subcontracta parti
din acordul-cadru dupa cum urmeaza:
1. partea de livrare, transport, instalare, punere in functiune,
instruire personal beneficiar si service in perioada de garantie,
injector automat cu 2 capete (2 buc.). Valoarea declarata este de 104
990 RON fara TVA;
2. partea de lucrari de amenajare spatiu echipament (2 spatii).
Valoarea declarata este de 66 400 RON fara TVA.
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informaii suplimentare:
In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe
primul loc au preturi egale, in vederea departajarii si stabilirii
ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor
economici, prin intermediul SEAP incarcarea unor documente continand
noi propuneri financiare. Stabilirea ofertei castigatoare se va face
utilizand criteriul pretul cel mai scazut. Operatorii economici
elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din Documentatia de
atribuire si vor indica in cuprinsul acesteia care informatii din
Propunerea tehnica si/sau din Propunerea financiara sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP,
operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe
site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3)Ci de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [27]office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adres Internet: [28]http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetesti Biroul Juridic
Str. Calarasi nr. 549
925150 Fetesti
ROMÂNIA
E-mail: [29]achizitii@spitalfetesti.ro
Telefon: +40 243361905
Adres Internet: [30]www.spitalfetesti.ro
Fax: +40 243361902
VI.4)Data expedierii prezentului anun:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Medizinische Geräte - HU-Budapest
Medizinische Geräte
Röntgengeräte
Ausrüstung für Tomografie
Ausrüstung für Digital-Angiografie
Überwachungsstation
Monitoren
Elektrokardiografen
Ophtalmologische Geräte
System zur ambulanten Langzeitaufzeichnung
Chirurgie-Laser
Operationstische
Ausrüstung für die Unterstützung der Herzfunktionen
Defibrillator
Endoskopen
Ausrüstung für Sauerstofftherapie und Beatmungsgeräte
Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
Ausrüstung für Anästhesie
Instrumente für Anästhesie und Reanimation
Funktionsunterstützung
Ausrüstung und Instrumente für Infusion
Krankenhausbetten
Motorisierte Betten
Medizinische Tische
Untersuchungstische
Möbel für ärztliche Zwecke, außer Betten und Tischen
Sterilisationsapparate
Chirurgische Instrumente
Deckenleuchten und Zubehör
Elektrochirurgieanlage
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Dokument Nr...: 13273-2016 (ID: 2016011509075651040)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
HU-Budapest: Medizinische Geräte
2016/S 10/2016 13273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Zu Händen von: dr. Izsák Anita
1125 Budapest
UNGARN
Telefon: +36 13561522
E-Mail: [4]izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.aeek.hu
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33100000, 33111000, 33115000, 33111721, 33195200, 33195100, 33123200,
33122000, 33121000, 33169100, 33192230, 33182000, 33182100, 33168100,
33157000, 33157400, 33172100, 33171000, 33180000, 33194100, 33192120,
33192130, 33192200, 33192210, 33192300, 33191100, 33169000, 31524100,
33161000, 39000000
Beschreibung
Medizinische Geräte.
Röntgengeräte.
Ausrüstung für Tomografie.
Ausrüstung für Digital-Angiografie.
Überwachungsstation.
Monitoren.
Elektrokardiografen.
Ophtalmologische Geräte.
System zur ambulanten Langzeitaufzeichnung.
Chirurgie-Laser.
Operationstische.
Ausrüstung für die Unterstützung der Herzfunktionen.
Defibrillator.
Endoskopen.
Ausrüstung für Sauerstofftherapie und Beatmungsgeräte.
Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke.
Ausrüstung für Anästhesie.
Instrumente für Anästhesie und Reanimation.
Funktionsunterstützung.
Ausrüstung und Instrumente für Infusion.
Krankenhausbetten.
Motorisierte Betten.
Medizinische Tische.
Untersuchungstische.
Möbel für ärztliche Zwecke, außer Betten und Tischen.
Sterilisationsapparate.
Chirurgische Instrumente.
Deckenleuchten und Zubehör.
Elektrochirurgieanlage.
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen
Beleuchtung) und Reinigungsmittel.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 115 953 993 HUF
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
Részvénytársaság
Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
1142 Budapest
UNGARN
E-Mail: [6]info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Fax: +36 14444401
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 240 000 000 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
Részvénytársaság
Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
1142 Budapest
UNGARN
E-Mail: [7]info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Fax: +36 14444401
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 66 445 000 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Premier G. Med Kft.
Hidász u. 1.
1026 Budapest
UNGARN
E-Mail: [8]premiergmed@premeiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Fax: +36 13980687
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 185 000 000 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország Zrt.,
konzorciumi tag: Medirex Zrt.
Budafoki út 56. és Erzsébet királyné útja 98/B.
1117 és 1142 Budapest
UNGARN
E-Mail: [9]czipri.erno@t-systems.hu, [10]infor@medirex.hu
Telefon: +36 14521400 / 14444400
Fax: +36 14521297 / 14444401
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 99 982 100 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hoge Orvosi Mszer Kft.
Szlkert u. 7.
1033 Budapest
UNGARN
E-Mail: [11]vallallkozas@hoge.hu
Telefon: +36 12505162
Fax: +36 12503963
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 262 872 551 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Mediszer Kft.
Bécsi út 267.
1037 Budapest
UNGARN
E-Mail: [12]info@mediszer.hu
Telefon: +36 14530615
Fax: +36 14530616
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 49 489 000 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aladdin Medical Kft.
Paragvári út 15.
9700 Szombathely
UNGARN
E-Mail: [13]aladdin@aladdin-medical.hu
Telefon: +36 94513020
Fax: +36 94513027
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 39 354 500 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medys Internationale Zrt.
Zápor u. 2/c.
1034 Budapest
UNGARN
E-Mail: [14]rdori@medys.hu
Telefon: +36 13480570
Fax: +36 13480569
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 97 662 031 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Steelco Hungary Kft.
Temesvár u. 1921.
1116 Budapest
UNGARN
E-Mail: [15]steelco@t-online.hu
Telefon: +36 13710257
Fax: +36 13710258
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 17 426 246 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Artmed Kft.
Viza u. 7/c.
1138 Budapest
UNGARN
E-Mail: [16]artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Fax: +36 13150330
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 57 722 565 HUF
ohne MwSt
References
4. mailto:izsak.anita@aeek.hu?subject=TED
5. http://www.aeek.hu/
6. mailto:info@medirex.hu?subject=TED
7. mailto:info@medirex.hu?subject=TED
8. mailto:premiergmed@premeiergmed.hu?subject=TED
9. mailto:czipri.erno@t-systems.hu?subject=TED
10. mailto:infor@medirex.hu?subject=TED
11. mailto:vallallkozas@hoge.hu?subject=TED
12. mailto:info@mediszer.hu?subject=TED
13. mailto:aladdin@aladdin-medical.hu?subject=TED
14. mailto:rdori@medys.hu?subject=TED
15. mailto:steelco@t-online.hu?subject=TED
16. mailto:artmed@artmed.hu?subject=TED
OT: 15/01/2016 S10 - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás
eredményérl - Nyílt eljárás
Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2016/S 010-013273
Tájékoztató az eljárás eredményérl
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Címzett: dr. Izsák Anita
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13561522
E-mail: [6]izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér általános címe: [7]www.aeek.hu
I.2)Az ajánlatkér típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális vagy helyi részlegeik
I.3)F tevékenység
Egészségügy
I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
Zala Megyei Kórház
Zrínyi u. 1.
8900 Zalaegerszeg
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerzdés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
Orvostechnikai eszközök, gép-mszerek, mobíliák, bútorok beszerzésére
vonatkozó adásvételi szerzdés a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia
és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala
Megyei Kórházban projekt keretei között és a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c.
kiemelt projekt, amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1 keretei között.
II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A teljesítés helye: Zala Megyei Kórház, 8900
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
NUTS-kód HU233
II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia és Szívsebészeti Centrum
kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban
projekt keretei és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt,
amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1 keretei között. orvostechnikai
eszközök, gép-mszerek, mobíliák, bútorok beszerzése 10 részben.
Adásvételi szerzdés teljesítése során a beszerzésre kerül orvosi
gép-mszerek és tartozékaik szállítása, összeszerelése, telepítési
feladatok elvégzése, informatikai illesztés elvégzése. Az eszközök
beüzemelése, a kezelszemélyzet betanításának elvégzése, próbaüzem
elvégzése, valamint a garanciális és jótállási feladatok ellátása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33100000, 33111000, 33115000, 33111721, 33195200, 33195100, 33123200,
33122000, 33121000, 33169100, 33192230, 33182000, 33182100, 33168100,
33157000, 33157400, 33172100, 33171000, 33180000, 33194100, 33192120,
33192130, 33192200, 33192210, 33192300, 33191100, 33169000, 31524100,
33161000, 39000000
II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
nem
II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 115 953 993 HUF
Áfa nélkül
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 264
2. 1. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
teljesítése. Súlyszám 60
3. 1. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 6
4. 2. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 264
5. 2. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
teljesítése. Súlyszám 58
6. 2. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 8
7. 3. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 176
8. 3. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások
teljesítése. Súlyszám 37
9. 3. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 7
10. 4. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 184
11. 4. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése. Súlyszám 41
12. 4. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 5
13. 5. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 72
14. 5. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése. Súlyszám 16
15. 5. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 2
16. 6. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 10
17. 6. rész: 2. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 2
18. 7. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 12
19. 7. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése. Súlyszám 2
20. 7. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 1
21. 8. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 36
22. 8. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése. Súlyszám 7
23. 8. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 2
24. 9. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 20
25. 9. rész: 2. az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató
elvárások teljesítése. Súlyszám 4
26. 9. rész: 3. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap).
Súlyszám 1
27. 10. rész: 1. szerzdés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás (HUF). Súlyszám 20
28. 10. rész: 2. jótállási id (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap).
Súlyszám 5
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 090-161259 9.5.2015
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerzdés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: CT berendezés
szállítása
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
Részvénytársaság
Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
1142 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [9]info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Fax: +36 14444401
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 240 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 1 Rész száma: 5 - Elnevezés: Intenzív ellátás
eszközei
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkören Mköd
Részvénytársaság
Erzsébet királyné útja 98. b. ép.
1142 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [10]info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Fax: +36 14444401
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 66 445 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: Haemodinamikai
berendezés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Premier G. Med Kft.
Hidász u. 1.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [11]premiergmed@premeiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Fax: +36 13980687
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 185 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: Diagnosztikai
berendezés szállítása
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország Zrt.,
konzorciumi tag: Medirex Zrt.
Budafoki út 56. és Erzsébet királyné útja 98/B.
1117 és 1142 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [12]czipri.erno@t-systems.hu, [13]infor@medirex.hu
Telefon: +36 14521400 / 14444400
Fax: +36 14521297 / 14444401
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 99 982 100 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 4 Rész száma: 4 - Elnevezés: Mtfelszerelés és
sterilizáló berendezések
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Hoge Orvosi Mszer Kft.
Szlkert u. 7.
1033 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [14]vallallkozas@hoge.hu
Telefon: +36 12505162
Fax: +36 12503963
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 262 872 551 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 5 Rész száma: 6 - Elnevezés: Szívsebészeti eszközök
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Mediszer Kft.
Bécsi út 267.
1037 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [15]info@mediszer.hu
Telefon: +36 14530615
Fax: +36 14530616
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 49 489 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 6 Rész száma: 7 - Elnevezés: Szemészeti mszerek
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Aladdin Medical Kft.
Paragvári út 15.
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
E-mail: [16]aladdin@aladdin-medical.hu
Telefon: +36 94513020
Fax: +36 94513027
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 39 354 500 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 7 Rész száma: 8 - Elnevezés: Orvosi bútorok
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Medys Internationale Zrt.
Zápor u. 2/c.
1034 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [17]rdori@medys.hu
Telefon: +36 13480570
Fax: +36 13480569
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 97 662 031 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
A szerzdés száma: 8 Rész száma: 9 - Elnevezés: Ápolási és
rehabilitációs eszközök
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Steelco Hungary Kft.
Temesvár u. 1921.
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [18]steelco@t-online.hu
Telefon: +36 13710257
Fax: +36 13710258
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 17 426 246 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 9 Rész száma: 10 - Elnevezés: Bútorok
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
18.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
Artmed Kft.
Viza u. 7/c.
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [19]artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Fax: +36 13150330
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 57 722 565 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Szakemberek
bevonása 10 % alatt.
VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 Kardiológia és Szívsebészeti Centrum
kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban
projekt, és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt,
amelynek kódszáma TIOP-2.2.8/14-1.
VI.2)További információk:
Nyertes ajánlattevk:
1. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép., Magyarország):
kisvállalkozás;
2. rész: Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.,
Magyarország): kisvállalkozás;
3. rész: Közös ajánlattevk: konzorciumvezet: T-Systems Magyarország
Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56., Magyarország): nem tartozik a
Kktv. hatálya alá, konzorciumi tag: Medirex Zrt. (1142. Budapest,
Erzsébet királyné útja 98/B. ép., Magyarország): kisvállalkozás;
4. rész: Hoge Orvosi Mszer Kft. (1033 Budapest, Szlkert. u. 7.,
Magyarország): kisvállalkozás;
5. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép., Magyarország):
kisvállalkozás;
6. rész: Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267., Magyarország):
mikrovállalkozás;
7. rész: Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.,
Magyarország): kisvállalkozás;
8. rész: Medys Internationale Zrt. (1034 Budapest, Zápor u. 2/c.,
Magyarország): mikrovállalkozás;
9. rész: Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 1921.,
Magyarország): mikrovállalkozás;
10. rész: Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/c., Magyarország):
kisvállalkozás.
Ajánlattevk:
1. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.);
2. rész: Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.);
3. rész:
VMD Kórházi Technológiai Zrt. (2400 Dunaújváros, Petfi Sándor u.
63.),
közös ajánlattevk: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 56.) konzorciumvezet és Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B. ép.)
konzorciumi tag;
4. rész:
Hoge Orvosi Mszer Kft. (1033 Budapest, Szlkert u. 7.),
közös ajánlattevk: Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft.
(8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.) konzorciumvezet és TS Labor
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Attila u. 126.)
konzorciumi tag;
5. rész: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.);
6. rész:
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B. ép.),
Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.);
7. rész:
Medicontur Orvostechnikai Kft. (2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.),
Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely, Paragvári út 15.);
8. rész:
VMD Kórházi Technológiai Zrt. (2400 Dunaújváros, Petfi Sándor u.
63.),
Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9300 Csorna,
Soproni út 125.),
PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.),
Rextra Kft. (1031 Budapest, Emd u. 38.),
Medys Internationale Zrt. (1034 Budapest, Zápor u. 2/c.);
9. rész:
Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u. 1921.),
Allegro Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 4749.),
Deflormed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Szugló u.
154. fszt.101.);
10. rész: Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7/c.).
Az eljárásban az összegezés javításra került, mivel a 4. rész is
értékelésre került a felfüggesztés megszüntetését követen, valamint az
összegezés módosításra is került, mivel a 7. sz. rész vonatkozásában
elzetes vitarendezést kezdeményeztek, amelynek ajánlatkér helyt
adott.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [20]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
következ szervtl szerezhet be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [21]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung - FR-Paris
Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
Taucherschiffe
Kleinboote
Dokument Nr...: 13373-2016 (ID: 2016011509090351135)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FR-Paris: Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
2016/S 10/2016 13373
Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit
Lieferauftrag
Richtlinie 2009/81/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
DGA/SCA
Ministère de la défense direction générale de l'armement direction
des opérations service centralisé des achats 60 boulevard du
Général Martial Valin CS 21623
Kontaktstelle(n): Bruno Chatelain
Zu Händen von: M. l'adjoint au chef du service centralisé des achats
75509 Paris Cedex 15
FRANKREICH
E-Mail: [4]bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34512000, 34513350, 34522300
Beschreibung
Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder
Güterbeförderung .
Taucherschiffe .
Kleinboote .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Chantier Naval P. Glehen et Fils
Terre-plein du Port
29730 Le Guilvinec
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 242 223,16 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 15/01/2016 S10 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure négociée
France-Paris: Navires et bâtiments similaires servant au transport de
personnes ou de marchandises
2016/S 010-013373
Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
défense et de la sécurité
Fournitures
Directive 2009/81/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
DGA/SCA
Ministère de la défense direction générale de l'armement direction
des opérations service centralisé des achats 60 boulevard du
Général Martial Valin CS 21623
Point(s) de contact: Bruno Chatelain
À l'attention de: M. l'adjoint au chef du service centralisé des achats
75509 Paris Cedex 15
FRANCE
E-mail: [6]bruno-h.chatelain@intradef.gouv.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture d'une Embarcation d'instruction à l'hélitreuillage (EIH)
destinée à la Marine nationale et réalisation de prestations associées.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS FR522
II.1.3)Information sur laccord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Le marché consiste à fournir une embarcation d'instruction à
l'hélitreuillage (EIH).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34512000, 34513350, 34522300
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Négociée avec publication d'un avis de marché
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique de l'offre. Pondération 47
2. Prix total de l'offre. Pondération 43
3. Valeur de l'organisation proposée en matière de management et
d'assurance qualité. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2014 90 0004 00 00 00 00
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Intitulé: 2014 90 0004 00 00 00 00
V.1)Date d'attribution du marché:
2.2.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Chantier Naval P. Glehen et Fils
Terre-plein du Port
29730 Le Guilvinec
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 242 223,16 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Sous réserve de la protection des secrets protégés par la loi,
notamment le secret des affaires, les demandes de consultation du
contrat se font par courrier adressé au Service centralisé des achats,
à l'adresse mentionnée dans le présent avis.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [7]greffe.taparis@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du Tribunal administratif de Paris (voir coordonnées ci-dessus)
VI.4)Date denvoi du présent avis:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Transport von Haushaltsabfällen - IT-Rom
Transport von Haushaltsabfällen
Dokument Nr...: 13473-2016 (ID: 2016011509095451235)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
IT-Rom: Transport von Haushaltsabfällen
2016/S 10/2016 13473
AMA SpA, Via Calderon de la Barca 87, Direzione Generale Servizio
Acquisti, Roma 00142, ITALIEN. Telefon: +39 0651692874. Fax: +39
065193063. E-Mail: area.acquisti@amaroma.it
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 1.8.2015, [1]2015/S
147-271562)
Betr.:
CPV:90512000
Transport von Haushaltsabfällen
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Der Auftrag wurde nicht vergeben
Weitere zusätzliche Informationen
Gara deserta.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271562-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 15/01/2016 S10 - - Servizi - Informazioni complementari -
Procedura aperta
Italia-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti
2016/S 010-013473
AMA SpA, Via Calderon de la Barca 87, Direzione Generale Servizio
Acquisti, Roma 00142, ITALIA. Telefono: +39 0651692874. Fax: +39
065193063. Posta elettronica: area.acquisti@amaroma.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 1.8.2015,
[1]2015/S 147-271562)
Oggetto:
CPV:90512000
Servizi di trasporto di rifiuti
Procedura incompleta
L'appalto non è stato aggiudicato
Altre informazioni complementari
Gara deserta.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigung von Schulen - DE-Hamburg
Reinigung von Schulen
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 13573-2016 (ID: 2016011509105651330)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
DE-Hamburg: Reinigung von Schulen
2016/S 10/2016 13573
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Finanzbehörde Hamburg
Gänsemarkt 36
Zu Händen von: Lisanne Aßmann
20354 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 40428231381
E-Mail: [6]ausschreibungen@fb.hamburg.de
Fax: +49 40427310686
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.ausschreibungen.hamburg.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Finanzbehörde
Hamburg
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 40428231380
E-Mail: [8]finanzbehoerde.poststelle@fb.hamburg.de
Fax: +49 40428231402
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg, Mümmelmannsberg 75,
22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 14: Gebäudereinigung und Hausverwaltung
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Gebäudereinigung in einer Schule.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90919300, 90911200
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Schulgebäude: 19 454 m^2, Sporthalle: 4 237 m^2, Lehrerprüfungsamt: 798
m^2, Mintarium: 634 m^2, Haus der Jugend: 1 189 m^2, Elternschule: 356
m^2.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg
75, 22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres
1)Kurze Beschreibung
Unterhaltsreinigung der Gebäudeteile des Schulbaus Hamburg der Schule
Mümmelmannsberg 75 (Schule, Sporthalle, Lehrerprüfungsamt, Mintarium).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90919300, 90911200
3)Menge oder Umfang
Schulgebäude: 19 454 m^2, Sporthalle: 4 237 m^2, Lehrerprüfungsamt: 798
m^2, Mintarium: 634 m^2.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Gebäudereinigung in der Schule Mümmelmannsberg
75, 22115 Hamburg für die Zeit vom 16.8.2016 bis auf weiteres
1)Kurze Beschreibung
Unterhaltsreinigung der Gebäudeteile des Bezirksamts Hamburg-Mitte der
Schule Mümmelmannsberg 75 (Haus der Jugend, Elternschule).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90919300, 90911200
3)Menge oder Umfang
Haus der Jugend: 1 189 m^2, Elternschule: 356 m^2.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Von den im Angebot aufgeführten
kalkulatorischen Arbeitsstunden dürfen in der späteren
Vertragsdurchführung nur maximal 40 % mit geringfügig beschäftigten
Reinigungskräften (Geringverdiener) erbracht werden. Soweit die täglich
zu leistenden Arbeitsstunden es zulassen, sollte ein weitestgehender
Verzicht auf Geringverdiener angestrebt werden.
Von allen Bietern muss mit dem Angebot die ausgefüllte und
unterschriebene Eigenerklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines
Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz eingereicht
werden.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Von allen Bietern ist eine Eigenerklärung zur
Zuverlässigkeit abzugeben. Die Angaben werden ggf. von der
Vergabestelle durch eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach §
150a Gewerbeordnung (GewO) überprüft: Von in- und ausländischen Bietern
wird von der Vergabestelle für den Bieter, der den Zuschlag erhalten
soll, zur Bestätigung der Erklärungen, eine Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bundesamt für
Justiz angefordert; von ausländischen Bietern wird ggf. eine
gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes gefordert. Die
Finanzbehörde behält sich vor, nach Angebotsabgabe von den
aussichtsreichen Bietern auf gesonderte Anforderung entsprechende
Bescheinigungen: Steuerliche Bescheinigung zur Beteiligung an
Öffentlichen Aufträgen bzw. Bescheinigung in Steuersachen,
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkasse,
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft abzufordern.
Die Bescheinigungen sind in aktueller Fassung einzureichen und dürfen
nicht älter als ein Jahr sein.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Sofern ein Bieter bis zum Einreichungstermin
keine Reinigungsaufträge für die FHH ausgeführt hat, sind möglichst
aktuelle Referenzen über anderweitige gleichartige
Reinigungsdienstleistungen (möglichst in vergleichbaren Objekten)
beizubringen (Aufstellung mit Adresse, Name des aktuellen
Ansprechpartners, Telefon). Bieter, die sich in den letzten 12 Monaten
im Bereich Gebäudereinigung betätigt haben und sich in diesem
Zeitraum um öffentliche Aufträge beworben haben, können sich auf
frühere Angaben beziehen, sofern sich zwischenzeitlich keine Änderungen
ergeben haben. Leistungsmängel und negative Erfahrungen der FHH mit
einem Bieter, die sich auf Reinigungsverträge in der Vergangenheit
beziehen, finden im Rahmen der Eignungsprüfung ebenfalls
Berücksichtigung und können die Leistungsfähigkeit eines Bieters bis
hin zum Angebotsausschluss beeinträchtigen. U. a. begründen Abmahnungen
und fristlose Kündigungen in jüngerer Vergangenheit wegen mangelnder
Reinigungsleistung eines Bieters eine genaue Überprüfung durch die
Vergabestelle. Unter Zugrundelegung der Unternehmensverhältnisse zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe wird dann in Einzelprüfung festgestellt,
ob das Angebot wegen der in der Vergangenheit aufgetretenen Mängel und
negativen Erfahrungen von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) erwartet die Anwendung neuester
Techniken und Erkenntnisse des Gebäudereinigerhandwerks und verlangt
mit den Reinigungsleistungen nicht nur die Erbringung von säubernden,
sondern auch von pflegenden und substanzerhaltenden Tätigkeiten. Aus
diesem Grund werden gesteigerte Voraussetzungen an das Vorliegen der
Fachkunde geknüpft. Fachkundig ist der Bieter, der durch Vorlage einer
Kopie seiner gültigen Handwerkskarte der zuständigen Handwerkskammer
die Eintragung als zulassungsfreies Handwerk Gebäudereiniger belegt.
Darüber hinaus ist der Nachweis zu führen, dass der Inhaber des
Reinigungsunternehmens über eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Gebäudereinigerhandwerk (Geselle/Gesellin im Gebäudereinigerhandwerk)
verfügt oder der Betrieb an verantwortlicher Stelle durch eine(n)
Gesellen/Gesellin geführt wird. Bieter aus dem Ausland können ihre
Fachkunde durch die Beschäftigung eines Gesellen/Gesellin im
Gebäudereinigerhandwerk an verantwortlicher Stelle oder durch
Beschäftigte, die einen den vorgenannten deutschen Abschlüssen
vergleichbaren Abschluss aufweisen, belegen. Gleichwertige
Bescheinigungen bzw. Nachweise von Stellen ihres Heimatlandes sind mit
einer Übersetzung in die deutsche Sprache vorzulegen.
Wird die ausgeschriebene Leistung auf Glasreinigungsarbeiten
beschränkt, so ist der Einsatz
eines Facharbeiters in aufsichtführender Position für die Erfüllung der
von der FHH geforderten gesteigerten Fachkunde ausreichend.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Preis. Gewichtung 70
2. Qualität. Gewichtung 30
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
OV2015000132
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
9.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 15.8.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Über das Online-Portal Hamburg-Service ([9]www.gateway.hamburg.de)
können Sie sich für die elektronische Vergabe registrieren, die
Vergabeunterlagen kostenfrei einsehen, bearbeiten und Ihr Angebot
elektronisch einreichen.
Hier finden Sie Hinweise zur Registrierung:
[10]https://gateway.hamburg.de/hamburggateway/fvp/fv/BasisHilfe/HilfeFi
rmen.aspx
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Große Bleichen 27
20354 Hamburg
DEUTSCHLAND
E-Mail: [11]dieter.carmesin@fb.hamburg.de
Telefon: +49 40428231448
Fax: +49 40428232020
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Gemäß § 107 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 107
Abs. 3 Nr. 1 GWB unzulässig, wenn der Antragsteller den gerügten
Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Die Rüge gilt
nur dann als unverzüglich, wenn sie nicht später als 14 Kalendertage
nach Kenntnis des behaupteten Verstoßes eingelegt wird. Des Weiteren
ist gemäß § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB der Nachprüfungsantrag unzulässig,
wenn mehr als 15 Tage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Große Bleichen 27
20354 Hamburg
DEUTSCHLAND
E-Mail: [12]dieter.carmesin@fb.hamburg.de
Telefon: +49 40428231448
Fax: +49 40428232020
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.1.2016
References
6. mailto:ausschreibungen@fb.hamburg.de?subject=TED
7. http://www.ausschreibungen.hamburg.de/
8. mailto:finanzbehoerde.poststelle@fb.hamburg.de?subject=TED
9. http://www.gateway.hamburg.de/
10. https://gateway.hamburg.de/hamburggateway/fvp/fv/BasisHilfe/HilfeFirmen.aspx
11. mailto:dieter.carmesin@fb.hamburg.de?subject=TED
12. mailto:dieter.carmesin@fb.hamburg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beschaffungsberatung - SE-Stockholm
Beschaffungsberatung
Dokument Nr...: 13673-2016 (ID: 2016011509120451431)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
SE-Stockholm: Beschaffungsberatung
2016/S 10/2016 13673
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Sveriges riksbank
Brunkebergstorg 11
Zu Händen von: Jenny Rosenblad
SE-103 37 Stockholm
SCHWEDEN
E-Mail: [4]jenny.rosenblad@riksbank.se
Weitere Auskünfte erteilen: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [5]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79418000
Beschreibung
Beschaffungsberatung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:jenny.rosenblad@riksbank.se?subject=TED
5. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
7. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
OT: 15/01/2016 S10 - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för upphandling
2016/S 010-013673
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Sveriges riksbank
Brunkebergstorg 11
Att: Jenny Rosenblad
SE-103 37 Stockholm
SVERIGE
E-post: [6]jenny.rosenblad@riksbank.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [9]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93490&Goto=Tender
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling av konsult till webb-upphandling och övertagande.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed
sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Stockholm.
NUTS-kod SE110
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
På Riksbanken pågår ett upphandlingsprojekt för webb-tjänster;
externwebb, intranät och webb-TV. Projektet behöver förstärkas med en
person som kan leda arbetet med att slutföra upphandlingarna och
därefter leda arbetet gentemot kommande leverantörerna för att
genomföra övertagandet.
Utöver dessa aktiviteter finns behov av att bidra med extern strategisk
kompetens för utveckling av webb-miljön och bidra med extern kompetens
när det gäller att utveckla rutiner och samarbete med ny leverantör.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
79418000
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2015-00864
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
22.2.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.5.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 23.2.2016 - 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dizbbmtr
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diagnostikausrüstung - PL-Rybnik
Diagnostikausrüstung
Dokument Nr...: 1373-2016 (ID: 2016010509033338705)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
PL-Rybnik: Diagnostikausrüstung
2016/S 2/2016 1373
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Zu Händen von: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), tel.: +48
324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204,
od poniedziaku do pitku w godz. 9:0014:00, 44-200 Rybnik
44-200 Rybnik
POLEN
Telefon: +48 324291288
E-Mail: [4]zampub@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.szpital.rybnik.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Samodzielny
Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Zu Händen von: Oferty naley skada w sekretariacie Dyrektora (Pawilon
nr 2 Przychodnia Wielospecjalistyczna, I pitro, pok. nr 103)
44-200 Rybnik
POLEN
Telefon: +48 324291288
Fax: +48 324291225
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33124100
Beschreibung
Diagnostikausrüstung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 18.3.2016 - 11:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
18.3.2016 - 11:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:zampub@szpital.rybnik.pl?subject=TED
5. http://www.szpital.rybnik.pl/
OT: 05/01/2016 S2 - - Dostawy - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Rybnik: Urzdzenia diagnostyczne
2016/S 002-001373
Ogoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Osoba do kontaktów: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym), tel.: +48
324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204,
od poniedziaku do pitku w godz. 9:0014:00, 44-200 Rybnik
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
E-mail: [6]zampub@szpital.rybnik.pl
Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szpital.rybnik.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Osoba do kontaktów: Oferty naley skada w sekretariacie Dyrektora
(Pawilon nr 2 Przychodnia Wielospecjalistyczna, I pitro, pok. nr
103)
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 324291288
Faks: +48 324291225
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Dostawa tomografu siatkówki z wyposaeniem 1 sztuka.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: SPZOZ WSS nr 3, ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik, Polska.
Kod NUTS PL227
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa tomografu siatkówki z
wyposaeniem 1 sztuka dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
Umowa zostanie zawarta bezporednio po zakoczeniu postpowania, a
realizacja dostawy, zgodnie z warunkami szczegóowo okrelonymi w
umowie, nastpi do 28 dni od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
33124100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Zamówienie niniejsze stanowi cz zamówienia na wyroby medyczne
zakupy inwestycyjne, którego warto przekracza równowarto 207 000
EUR. Przedmiotem obecnie udzielanego zamówienia jest dostawa tomografu
siatkówki z wyposaeniem 1 sztuka.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci: 2 700 PLN.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Termin patnoci wynosi do 60 dni, liczc od dnia dorczenia prawidowo
(pod wzgldem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do
siedziby zamawiajcego na zasadach okrelonych w umowie.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj
penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zwizku z tym do oferty
naley doczy ww. penomocnictwo w formie oryginau lub odpisu
notarialnego. Ponadto oferta musi by podpisana w taki sposób, by
prawnie zobowizywaa wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny
speniania wymogów: dania zamawiajcego w zakresie wykazania
speniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004
Prawo zamówie publicznych zwanej dalej Ustaw, i braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy s nastpujce: wykonawca jest zobowizany w niej
opisany sposób wykaza odpowiednio, nie póniej ni na dzie skadania
ofert:
1. spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy;
2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Ad. 1.
Spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy wykonawca
jest zobowizany wykaza poprzez doczenie do oferty owiadczenia o
spenianiu przez niego warunków w zakresie okrelonym w art. 22 ust. 1
Ustawy w stopniu pozwalajcym na zrealizowanie niniejszego
zamówienia, zgodnie z wymaganiami szczegóowo opisanymi poniej w
punkcie 2.
Ocena speniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie ww.
owiadczenia na zasadzie spenia/nie spenia (zoenie owiadczenia
we waciwej formie i o wymaganej treci zostanie uznane za
potwierdzenie speniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy).
Ad. 2.
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespeniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wykonawca jest zobowizany wykaza poprzez
doczenie do oferty owiadcze i dokumentów zgodnie z wymaganiami
szczegóowo opisanymi poniej w punkcie 3.
Ocena braku podstaw do wykluczenia z ww. powodów zostanie dokonana na
podstawie ww. owiadcze i dokumentów na zasadzie spenia/nie spenia
(zoenie we waciwej formie i o wymaganej treci owiadczenia, o
którym mowa poniej w punkcie 3.1 oraz dokumentów wymienionych poniej
w punktach 3.2 do 3.6, zostanie uznane za potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia; w zakresie owiadczenia wymienionego poniej w punkcie
3.7: owiadczenie wykonawcy, e nie naley on do adnej grupy
kapitaowej, stanowi bdzie potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, natomiast w przypadku
zoenia listy podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej,
która wskazuje, e wykonawcy nalecy do tej grupy zoyli odrbne
oferty zamawiajcy zastosuje przepisy art. 24b Ustawy).
W celu wykazania speniania ww. warunków do oferty naley doczy
nastpujce owiadczenia i dokumenty (zacznik nr 1 do oferty dotyczy
przedmiotu zamówienia, std numeracja dotyczca owiadcze i dokumentów
podmiotowych biegnie od numeru 2):
2. owiadczenia i dokumenty suce wykazaniu speniania warunków
udziau w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy;
2.1. owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowicego zacznik
nr 2.1 do specyfikacji);
3. owiadczenia i dokumenty suce wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
3.1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznociach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy (wg wzoru stanowicego zacznik
nr 3.1 do specyfikacji);
3.2. aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert;
3.3. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert;
3.4. aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
3.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48, 10 i 11 Ustawy, wystawiona nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
3.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert (dotyczy podmiotów
zbiorowych);
3.7. owiadczenie dotyczce przynalenoci wykonawcy do grupy
kapitaowej lista podmiotów nalecych do tej samej co wykonawca
grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo
informacja o tym, e wykonawca nie naley do adnej grupy kapitaowej.
Jeeli, w przypadku wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
58, 10 i 11 Ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wczeniej ni 6
miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku dokumentów wymienionych jako
zaczniki nr 3.2 do nr 3.6 naley zastosowa zasady zawarte w
Rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by skadane z 19.2.2013 (Dz.U. 2013, poz. 231).
W szczególnoci w takim wypadku w zakresie zaczników nr 3.2, 3.3, 3.4
oraz 3.6 naley zoy dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci (wystawione
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert);
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenia
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu (wystawione nie wczeniej
ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
(wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
skadania ofert),
natomiast w zakresie zacznika nr 3.5 naley zoy zawiadczenie
waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48, 10 i 11 Ustawy (wystawione nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert).
Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa wyej, zastpuje si je dokumentem
zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
(z zachowaniem ww. terminów).
W przypadku zoenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si
o udzielenie zamówienia na podstawie owiadcze i dokumentów
wymienionych w pozycjach 2 i 3 naley wykaza, e warunki udziau w
postpowaniu s spenione odpowiednio przez podmioty wspólnie
ubiegajce si o udzielenie zamówienia (warunki okrelone w art. 22
ust.1 Ustawy wykonawcy speniaj co najmniej cznie, a aden z nich
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy). W zwizku
z tym:
w zakresie wykazania speniania warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy wystarczajce jest zoenie jednego wspólnego
owiadczenia wg wzoru nr 2.1,
w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespeniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy naley
zoy odrbne dla kadego z wykonawców owiadczenia wg wzoru nr 3.1 i
odrbne dla kadego z wykonawców dokumenty wymagane jako zaczniki nr
3.2 do 3.7.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Jak podano powyej w punkcie III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
Jak podano powyej w punkcie III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
TAM-1230-PN/81-2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
do dokumentów: 18.3.2016 - 11:00
Dokumenty odpatne: tak
Poda cen: 13,50 PLN
Warunki i sposób patnoci: Opisano poniej w punkcie: VI.3):
Informacje dodatkowe.
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
18.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.3.2016 - 11:30
Miejscowo:
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dzia Zamówie Publicznych, Pawilon
nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I pitro, pokój nr 126.
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upowanionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona pobra w wersji
elektronicznej z ww. strony internetowej zamawiajcego lub w formie
pisemnej: u zamawiajcego w terminie 5 dni od dnia zoenia wniosku w
godzinach pracy zamawiajcego, tj. 7:1514:00 (patno w kasie) albo
poczt za pobraniem. Wniosek naley zoy w formie pisemnej powoujc
si na nazw nadan zamówieniu przez zamawiajcego podan w punkcie
II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1. Podana w punkcie
IV.3.3 cena nie obejmuje kosztów przesania.
Informacja o owiadczeniach i dokumentach potwierdzajcych spenianie
przez oferowane dostawy wymaga okrelonych przez zamawiajcego:
Zamawiajcy wymaga doczenia do oferty nastpujcych owiadcze i
dokumentów: oprócz formularza cenowego stanowicego zacznik nr 1.1,
do oferty naley ponadto doczy jako zaczniki nr 1.2, 1.3, 1.4
nastpujce owiadczenia i dokumenty:
1.2 Specyfikacja techniczna (wg wzoru stanowicego zacznik nr 1.2 do
specyfikacji).
1.3 Warunki gwarancji jakoci i serwisu (wg wzoru stanowicego
zacznik nr 1.3 do specyfikacji).
1.4. Owiadczenia i dokumenty potwierdzajce posiadanie przez cay
zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zaczniku nr 1.1 i 1.2,
dopuszczenia do obrotu i do uywania:
1.4.1. owiadczenie, e wykonawca jest w posiadaniu dopuszcze do
obrotu i do uywania zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa dla
wszystkich zaoferowanych produktów oraz jest gotów do udostpnienia
tych dopuszcze na danie zamawiajcego (take przed rozstrzygniciem
przetargu w ramach udzielanych na wezwanie zamawiajcego wyjanie)
wg wzoru stanowicego zacznik nr 1.4 do specyfikacji,
1.4.2. deklaracja zgodnoci dla caego zaoferowanego asortymentu
(dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
1.4.3. certyfikat zgodnoci dla caego zaoferowanego asortymentu wydany
przez jednostk notyfikowan (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego
z wyjtkiem klasy I).
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Urzdu Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w terminie 10 dni od
dnia przesania informacji o czynnoci Zamawiajcego stanowicej
podstaw jego wniesienia jeeli zostay przesane faksem lub drog
elektroniczn, albo w terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny
sposób. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu a take wobec
postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie
internetowej. Odwoanie wobec czynnoci innych, ni okrelone powyej
wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy
zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o
okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia. Jeeli
Zamawiajcy, mimo takiego obowizku, nie przesa Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwoanie wnosi si
nie póniej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia; w
terminie 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy nie
opublikowa w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o
udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Departament Odwoa Urzdu Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Kesseln - FR-Isle
Reparatur und Wartung von Kesseln
Dokument Nr...: 13773-2016 (ID: 2016011509133851532)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FR-Isle: Reparatur und Wartung von Kesseln
2016/S 10/2016 13773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ODHAC
4 rue Robert Schuman
Zu Händen von: Mme la directrice générale
87170 Isle
FRANKREICH
Telefon: +33 555054207
E-Mail: [4]marches@odhac87.fr
Fax: +33 555054232
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.odhac.fr/
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://odhac.e-marchespublics.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50531100
Beschreibung
Reparatur und Wartung von Kesseln.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 517 840,50 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2497 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 437 514,05 EUR
Auftrags-Nr: 2498 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 441 653,75 EUR
Auftrags-Nr: 2499 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 448 734,90 EUR
Auftrags-Nr: 2500 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 189 937,80 EUR
References
4. mailto:marches@odhac87.fr?subject=TED
5. http://www.odhac.fr/
6. http://odhac.e-marchespublics.com/
OT: 15/01/2016 S10 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Isle: Services de réparation et d'entretien de chaudières
2016/S 010-013773
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
ODHAC
4 rue Robert Schuman
À l'attention de: Mme la directrice générale
87170 Isle
FRANCE
Téléphone: +33 555054207
E-mail: [6]marches@odhac87.fr
Fax: +33 555054232
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.odhac.fr/
Adresse du profil dacheteur: [8]http://odhac.e-marchespublics.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Établissement public à caractère industriel et commercial
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Entretien et garantie totale des appareils de chauffage sanitaire
individuels et de VMC gaz et sanitaire 2016 à 2020.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS FR633
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Marché d'entretien et de garantie totale des appareils de chauffage
sanitaire individuels et de VMC gaz et sanitaire
2016 à 2020.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50531100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 1 517 840,50 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur techniques. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 178-323800 du 15.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2497 Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 1: Lot géographique
V.1)Date d'attribution du marché:
26.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 437 514,05 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2498 Lot nº: 2 - Intitulé: Lot 2: Lot géographique
V.1)Date d'attribution du marché:
26.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 441 653,75 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2499 Lot nº: 3 - Intitulé: Lot 3: Lot géographique
V.1)Date d'attribution du marché:
26.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 448 734,90 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2500 Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: Département de la
Haute-Vienne
V.1)Date d'attribution du marché:
26.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Savelys
immeuble Space II, 11 allée James Watt
33700 Mérignac
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 189 937,80 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce n° 15-138600, mise en ligne le 10.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
1 cours Vergniaud
87000 Limoges
E-mail: [10]greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone: +33 555339155
Fax: +33 555339160
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif
1 cours Vergniaud
87000 Limoges
E-mail: [11]greffe.ta-limoges@juradm.fr
Téléphone: +33 555339155
Fax: +33 555339160
VI.4)Date denvoi du présent avis:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenverarbeitungsdienste - IE-Dublin
Datenverarbeitungsdienste
Computer-Backup-Dienste und Katalogkonvertierung
Dokument Nr...: 13873-2016 (ID: 2016011509154351657)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
IE-Dublin: Datenverarbeitungsdienste
2016/S 10/2016 13873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Department of Agriculture, Food and the Marine
N/A
Agriculture House, Kildare Street
Zu Händen von: Harry O'Crowley
2 Dublin
IRLAND
Telefon: +353 01-6072463
E-Mail: [4]harry.ocrowley@agriculture.gov.ie
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETEND
ERS_SIMPLE
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72500000, 72900000
Beschreibung
Datenverarbeitungsdienste.
Computer-Backup-Dienste und Katalogkonvertierung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 184 000 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Asystec Ltd
IE9769268N
Suite 10, Block 256, Blanchardstown Corporate Park
15 Dublin
IRLAND
E-Mail: [7]caoimhan.considine@asystec.ie
Telefon: +353 15313342
Internet-Adresse: [8]http://www.asystec.ie
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 184 000 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:harry.ocrowley@agriculture.gov.ie?subject=TED
5. http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
6. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETENDERS_SIMPLE
7. mailto:caoimhan.considine@asystec.ie?subject=TED
8. http://www.asystec.ie/
OT: 15/01/2016 S10 - - Services - Contract award notice - Open
procedure
Ireland-Dublin: Computer-related services
2016/S 010-013873
Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Department of Agriculture, Food and the Marine
N/A
Agriculture House, Kildare Street
For the attention of: Harry O'Crowley
2 Dublin
IRELAND
Telephone: +353 01-6072463
E-mail: [6]harry.ocrowley@agriculture.gov.ie
Internet address(es):
Address of the buyer profile:
[7]http://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/307
Electronic access to information:
[8]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=93244&B=ETEND
ERS_SIMPLE
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
1 MCSE Certified Professional with Certification in CommVault Simpana
Version 10.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 7: Computer and related services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Dublin 2.
NUTS code IE
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Under a shared service agreement between the Department of Agriculture,
Food and the Marine (DAFM) and the Department of Communications Energy
and Natural Resources (DCENR), the IT Operations function for DCENR is
now provided by DAFM. DCENR and DAFM require a Level 3 help desk
specialist to carry out standard Level 3 duties such as server
building, server monitoring, troubleshooting, active directory
maintenance and management, etc. CommVault Element, a core element of
the role will involve the management, maintenance design and
administration of a complex CommVault environment in DCENR. The
environment consists of 50 + CommVault agents spread across 2 physical
locations. EMC Storage Array Knowledge of EMC storage arrays including
administration of EMC UniSphere although not required would be an
advantage.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
72500000, 72900000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 184 000 EUR
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cost of the proposed personnel (including daily rate). Weighting 500
2. The quality of the candidate proposed. Weighting 450
3. Proposal to manage the delivery of the service. Weighting 50
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
Section V: Award of contract
Contract No: 1 Lot No: 1 - Lot title: 1 CommVault Simpana Version 10
Professional with MCSE Certification
V.1)Date of contract award decision:
4.1.2016
V.2)Information about offers
Number of offers received: 2
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Asystec Ltd
IE9769268N
Suite 10, Block 256, Blanchardstown Corporate Park
15 Dublin
IRELAND
E-mail: [9]caoimhan.considine@asystec.ie
Telephone: +353 15313342
Internet address: [10]http://www.asystec.ie
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 184 000 EUR
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - BE-Lüttich
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 13973-2016 (ID: 2016011509164251757)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
BE-Lüttich: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2016/S 10/2016 13973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ASBL Promotion des Aines
Avenue d'Aix-la-Chapelle 60
Kontaktstelle(n): La Clairière de Fayenbois
Zu Händen von: Dominique Evrard
4020 Liège
BELGIEN
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros
und Prüfstellen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
ARTAU Architectures
4960 Malmedy
BELGIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 15/01/2016 S10 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure négociée
Belgique-Liège: Services d'architecture, services de construction,
services d'ingénierie et services d'inspection
2016/S 010-013973
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
ASBL Promotion des Aines
Avenue d'Aix-la-Chapelle 60
Point(s) de contact: La Clairière de Fayenbois
À l'attention de: Dominique Evrard
4020 Liège
BELGIQUE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: ASBL maison de repos et de soins
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Liège-La Clairière de Fayenbois- Désignation d'une équipe pour une
mission complète d'auteur de projet d'architecture pour la construction
d'une résidence services de 24 logements.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: BE332.
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Désignation d'une équipe pour une mission complète d'auteur de projet
d'architecture pour la construction d'une résidence services de 24
logements.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Qualité du concept, de l'intervention architecurale. Pondération 30
2. Performance et fonctionnalité de l'outil. Pondération 20
3. Maîtrise des budgets d'investissement et des coûts de
fonctionnement. Pondération 20
4. Gestion des délais du projet de construction. Pondération 15
5. Honoraires. Pondération 15
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
MP2015-FAY-02
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 102-186004 du 29.5.2015
Section V: Attribution du marché
V.1)Date d'attribution du marché:
18.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
ARTAU Architectures
4960 Malmedy
BELGIQUE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bewachungsdienste - BG-Sofia
Bewachungsdienste
Dokument Nr...: 14073-2016 (ID: 2016011509174251858)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
BG-Sofia: Bewachungsdienste
2016/S 10/2016 14073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Oblastna administratsiya na Sofiyska oblast
bul. Vitosha No. 6
Kontaktstelle(n): gr. Sofiya, bul. Vitosha No. 6
Zu Händen von: Ina Lambeva
1000 Sofiya
BULGARIEN
Telefon: +359 29301801
Fax: +359 29883484
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]http://www.sofoblast.government.bg/
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79713000
Beschreibung
Bewachungsdienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 407 160 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: -30 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
:176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
BULGARIEN
E-Mail: [6]cprestij_ss@abv.bg
Telefon: +359 281888
Internet-Adresse: [7]http://strong-s.bg/
Fax: +359 28555148
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 108 192 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 98 280 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: -31 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
BULGARIEN
E-Mail: [8]cprestij_ss@abv.bg
Telefon: +359 281888
Internet-Adresse: [9]http://strong-s.bg/
Fax: +359 28555148
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 77 280 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 70 200 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: -32 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
BULGARIEN
E-Mail: [10]cprestij_ss@abv.bg
Telefon: +359 281888
Internet-Adresse: [11]http://strong-s.bg/
Fax: +359 28555148
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 77 280 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 70 200 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: -33 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
BULGARIEN
E-Mail: [12]cprestij_ss@abv.bg
Telefon: +359 281888
Internet-Adresse: [13]http://strong-s.bg/
Fax: +359 28555148
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 77 280 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 70 200 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: -34 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
BULGARIEN
E-Mail: [14]cprestij_ss@abv.bg
Telefon: +359 281888
Internet-Adresse: [15]http://strong-s.bg/
Fax: +359 28555148
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 108 192 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 98 280 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
References
4. http://www.sofoblast.government.bg/
5. http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D
1%87%D0%B0
6. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
7. http://strong-s.bg/
8. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
9. http://strong-s.bg/
10. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
11. http://strong-s.bg/
12. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
13. http://strong-s.bg/
14. mailto:cprestij_ss@abv.bg?subject=TED
15. http://strong-s.bg/
OT: 15/01/2016 S10 - - - -
-:
2016/S 010-014073
2004/18/
:
I.1), /
000776057
. 6
/ : . , . 6
:
1000
: +359 29301801
: [6]sofoblast@government.bg
: +359 29883484
/:
:
[7]http://www.sofoblast.government.bg/
:
[8]http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
I.2)
I.3)
I.4)
:
:
II.1)
II.1.1)
,
6 :
1: ,
. , . " 6;
2: . ,
;
3: . ,
;
4: . ,
,
000107, 000072, 300021, 300020;
5: 000539
. , ;
6: 000103
. 000110 . ,
.
II.1.2) ,
23: ,
,
: .
.
NUTS BG411,BG412
II.1.3)
()
II.1.4) /
,
6 :
1: ,
. , . " 6;
2: . ,
;
3: . ,
;
4: . ,
,
000107, 000072, 300021, 300020;
5: 000539
. , ;
6: 000103
. 000110 . ,
.
II.1.5)O (CPV)
79713000
II.1.6) (GPA)
(GPA):
II.2) /
II.2.1) /
: 407 160 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
-
1. 1 . 60
2. 2 . 40
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) ,
IV.3.2)
: [9]2015/S 085-152499 2.5.2015
V:
: -30 : 1 -
:
,
6 : 1:
, . , . 6
V.1) :
28.4.2015
V.2)
: 7
V.3) ,
:176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
: [10]cprestij_ss@abv.bg
: +359 281888
: [11]http://strong-s.bg/
: +359 28555148
V.4)
:
: 108 192 BGN
:
: 98 280 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
: -31 : 2 -
:
,
6 : 2:
. ,
V.1) :
28.4.2015
V.2)
: 6
V.3) ,
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
: [12]cprestij_ss@abv.bg
: +359 281888
: [13]http://strong-s.bg/
: +359 28555148
V.4)
:
: 77 280 BGN
:
: 70 200 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
: -32 : 4 -
:
,
6 : 4:
. , ,
000107, 000072, 300021, 300020
V.1) :
28.4.2015
V.2)
: 6
V.3) ,
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
: [14]cprestij_ss@abv.bg
: +359 281888
: [15]http://strong-s.bg/
: +359 28555148
V.4)
:
: 77 280 BGN
:
: 70 200 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
: -33 : 5 -
:
,
6 : 5:
000539 . ,
V.1) :
28.4.2015
V.2)
: 6
V.3) ,
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
: [16]cprestij_ss@abv.bg
: +359 281888
: [17]http://strong-s.bg/
: +359 28555148
V.4)
:
: 77 280 BGN
:
: 70 200 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
: -34 : 6 -
:
,
6 : 6:
000103 .
000110 . ,
V.1) :
28.4.2015
V.2)
: 6
V.3) ,
: 176836180
. 24, . 7, . 1, . 1
1000
: [18]cprestij_ss@abv.bg
: +359 281888
: [19]http://strong-s.bg/
: +359 28555148
V.4)
:
: 108 192 BGN
:
: 98 280 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
-8/22.07.2015.
.. .
13157/ 07.12.2015.
742/17.09.2015.
-8/22.07.2015.
.
VI.3)
VI.3.1),
. 18
1000
: [20]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [21]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kanalisationsarbeiten - FR-Nantes
Kanalisationsarbeiten
Dokument Nr...: 14173-2016 (ID: 2016011509182751950)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
FR-Nantes: Kanalisationsarbeiten
2016/S 10/2016 14173
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
Zu Händen von: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 9
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45232410
Beschreibung
Kanalisationsarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SNC DLE Ouest
5 rue de la Catalogne
44240 La Chapelle-sur-Erdre
FRANKREICH
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 62 723 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
OT: 15/01/2016 S10 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Nantes: Travaux d'assainissement
2016/S 010-014173
Avis d'attribution de marché secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
À l'attention de: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 9
FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
I.2)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Eau
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
adjudicatrices: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Nantes place Émile Zola reconstruction des réseaux d'assainissement
unitaire et de ses branchements. A titre accessoire, cette consultation
comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en
difficulté.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Nantes place Émile Zola reconstruction des réseaux d'assainissement
unitaire et de ses branchements.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232410
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
15EN12
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Section V: Attribution du marché
V.1)Attribution et valeur du marché
V.1.1)Date d'attribution du marché:
12.1.2016
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SNC DLE Ouest
5 rue de la Catalogne
44240 La Chapelle-sur-Erdre
FRANCE
V.1.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 62 723 EUR
Hors TVA
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Critères d'attribution (coefficient)
valeur économique de l'offre au regard du DQE: 40,
valeur technique de l'offre: 40,
valeur environnementale de l'offre: 10,
valeur insertion professionnelle: 10.
Section V: attribution du marché
La date indiquée est celle de la notification du marché et non pas
celle à laquelle le marché a été attribué.
Le montant indiqué s'entend comme le montant mentionné dans le DQE.
Modalités de consultation du marché auprès de:
Nantes Métropole direction de la commande publique service des
marchés immeuble Valmy 11 avenue Carnot 44923 Nantes Cedex 9
Tél. +33 240992377, +33 240992378 Fax: +33 240999840.
Ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30.
Date de signature du marché: 12.1.2016.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée Ile Gloriette, BP 24111. E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr.
Tél. +33 240994600. Fax: +33 240994658
44000 Nantes Cedex 01
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée Ile Gloriette, BP 24111. E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr.
Tél. +33 240994600. Fax: +33 240994658
44000 Nantes Cedex 01
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft - EE-Tallinn
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 14273-2016 (ID: 2016011509192552055)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
EE-Tallinn: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
2016/S 10/2016 14273
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Elektrilevi OÜ
11050857
Kadaka tee 63
Zu Händen von: Angela Laine
12915 Tallinn
ESTLAND
Telefon: +372 57880681
E-Mail: [4]angela.laine@elektrilevi.ee
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.elektrilevi.ee
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.elektrilevi.ee
Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]https://riigihanked.riik.ee
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://riigihanked.riik.ee
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77230000
Beschreibung
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkond
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77230000
3)Menge oder Umfang:
Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
alljärgnev:
Osa 1 Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda 360
000 EUR.
Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkond
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77230000
3)Menge oder Umfang:
Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
alljärgnev:
Osa 1 Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda
360 000 EUR
Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 13:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Estnisch.
References
4. mailto:angela.laine@elektrilevi.ee?subject=TED
5. http://www.elektrilevi.ee/
6. http://www.elektrilevi.ee/
7. https://riigihanked.riik.ee/
8. https://riigihanked.riik.ee/
OT: 15/01/2016 S10 - - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus
Eesti-Tallinn: Mitmesugused metsandusega seotud teenused
2016/S 010-014273
Hanketeade võrgustikega seotud sektorid
Teenused
Direktiiv 2004/17/EÜ
I osa: Võrgustiku sektori hankija
I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed
Elektrilevi OÜ
11050857
Kadaka tee 63
Kontaktisik: Angela Laine
12915 Tallinn
EESTI
Telefon: +372 57880681
E-post: [6]angela.laine@elektrilevi.ee
Internetiaadress(id):
Võrgustiku sektori hankija üldaadress: [7]http://www.elektrilevi.ee
Ostjaprofiili aadress: [8]http://www.elektrilevi.ee
Elektrooniline juurdepääs teabele: [9]https://riigihanked.riik.ee
Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine:
[10]https://riigihanked.riik.ee
Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a dünaamilist
hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt
eelmainitud kontaktandmed
I.2)Hankija põhitegevus
Elektrienergia
I.3)Hankeleping sõlmitakse teiste võrgustiku sektori hankijate nimel
II osa: Hankelepingu objekt
II.1)Kirjeldus
II.1.1)Võrgustiku sektori hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
0,4-35 kV liinikoridoride hooldustööde teostamine Elektrilevi OÜ
Kilingi-Nõmme ja Abja ning Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkondades.
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise
või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste
osutamise koht: Eesti.
NUTS kood EE
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise
hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
arv osalejat kavandatavale raamlepingule: 2
Raamlepingu kestus
Kestus kuudes: 24
Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 720 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus:
Käesoleva hanke mahtu kuuluvad pakkumuse maksumus(t)e tabeli(te)s (osa
1, osa 2) toodud liinikoridori hooldustööd järgmistes Elektrilevi OÜ
piirkondades:
1.1 Osa 1 Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonnnad.
1.2 Osa 2 Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonnad.
Hanke käidupiirkondadade kaardi leiate hankedokumentide alt, fail
nimega Kaidupiirid.
2. Teostamisele kuuluva tööna kohustub edukas pakkuja tegema järgmist:
2.1 Õhuliinide puhastustööd teostada vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele, määrustele ja muudele nõuetele (s.h Maanteeameti ja/või
Keskkonnaameti määrustele, korraldustele, eeskirjadele,
ettekirjutustele jne).
2.2 Puude, puude okste ja võsa raiumisel laasima, järkama ja langetama
puud, puud kokku koondama, kinnisasja omaniku nõudmisel koguma
raiejäätmed vallidesse või hunnikutesse liinikoridori välisservadele.
2.3 Ette teavitama kinnisasja omanikku Elektrilevi OÜ vormil
(Maaomaniku teavituskirja vorm) töö teostamisest ja kooskõlastama
kinnisasja omanikuga erinõuded langetatud puude laasimise, järkamise ja
kokku kogumise ja raiejäätmete koristuse osas.
2.4 Hankima kõik tööks vajalikud kirjalikud load ja kooskõlastused
kohalikelt omavalitsustelt, metsavaldajatelt, kinnisasja omanikelt,
maakasutajatelt, Keskkonnaametilt ning taotlema tööks vajalikud
raieload, metsateatised.
2.5 Jätma raiutud metsamaterjali kinnisasja omanikule või kinnistu
kasutusõigust omavale isikule, v.a. juhul, kui kinnistu omanik või
kinnistu kasutusõigust omav isik ei lepi Töövõtjaga kirjalikult kokku
teisiti.
Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist. Lepingu alusel
tellimusi hakatakse esitama alates 1.4.2016.a.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
77230000
II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA)
kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni
riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ühele või mitmele osale
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Töid teostatakse ühikhindade alusel vastavalt Hankija poolt edastatud
tellimustele.
Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed 3 aasta rahalised mahud on
alljärgnevad:
Osa 1 Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda 360
000 EUR.
Osa 2 Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda
360 000 EUR.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 720 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 24 (alates hankelepingu sõlmimisest)
Teave osade kohta
Osa nr: 1 Osa nimetus: Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkond
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
77230000
3)Kogus või ulatus:
Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
alljärgnev:
Osa 1 Kui pakkumine hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda 360
000 EUR.
Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
Osa nr: 2 Osa nimetus: Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkond
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
77230000
3)Kogus või ulatus:
Hankeleping sõlmitakse kaheks aastaks võimalusega pikendada
hankelepingut aasta võrra (2 + 1). Juhul kui Hankija ei pikenda
hankelepingut kolmandaks aastaks, on Hankijal õigus mitte tagada 1/3
lepingu alusel teostatavate tööde mahust. Hankijal on õigus ühepoolselt
muuta lepingu alusel teostatavate tööde mahtu kuni 30 %.
Hange on jagatud osadeks ja indikatiivne 3 aasta rahaline maht on
alljärgnev:
Osa 1 Kui pakkumine hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda
360 000 EUR
Maht on indikatiivse iseloomuga ja kajastab Ostja eelmiste perioodide
statistikat. Hankeleping jõustub kohe peale hankelepingu sõlmimist.
Lepingu alusel tellimusi hakatakse esitama alates 1.6.2016.a.
III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave
III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Pakkumuse tagatisena peab pakkuja esitama krediidi- või
finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja vastavalt
hankedokumentidele lisatud vormile (Vorm 6) või deponeerima
tagatissumma Hankija arvelduskontole EE292200221025311485 Swedbankis
iga osa kohta, millele pakkumus esitatakse, vastavalt alljärgnevale:
1) Osa 1 Kui pakkumus hõlmab Kilingi-Nõmme ja Abja käidupiirkonda 3
600 eurot.
2) Osa 2 Kui pakkumus hõlmab Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa käidupiirkonda
3 600 eurot.
Raha deponeerides hankija arvelduskontole esitada maksekorralduse
koopia.
Pakkumuse tagatis peab kehtima vähemalt 120 (ükssada kakskümmend)
kalendripäeva alates pakkumuse esitamisest. Garantiikirja tellimisel
kohustub pakkuja arvestama Hankija õigusega muuta hankedokumente, mille
tulemusena võib pikeneda pakkumuse esitamise tähtaeg ning sellest
tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav tähtaeg.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid
reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Arve maksetähtaeg on järgmine:
1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva Tellija poolt arve
kättesaamisest arvates või
2) 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva Tellija poolt arve
kättesaamisest arvates. Käesolevas punktis nimetatud maksetähtaja
valimise korral on Töövõtjal võimalik liituda Tellija
faktooringprogrammiga. Tellija faktooringprogrammi ja selles osalemise
tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt
([11]http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/vwFaktooring/1?OpenDocum
ent) või Tellija poolt teavitatud elektroonilises asukohas. Arve
loetakse tasutuks Töövõtja arvelduskontole raha laekumise kuupäevast.
Ettemakseid ei tehta. Tasumine toimub vastavalt teostatud, Tellijale
üle antud ja Tellija poolt vastu võetud tööde alusel.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt
nõutav õiguslik vorm:
Kui hankemenetluse osalemise pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt,
peavad nad järgneva hankemenetluse toimingute tegemiseks volitama enda
hulgast esindaja. Ühise pakkumuse volikiri tuleb esitada koos
hankemenetluses osalemise ühispakkumusega.
Ühise pakkumuse volikirjas ära märkida:
1. volitatud isiku nimi;
2. asukoht;
3. registrikood;
4. volitaja nimi;
5. volitaja esindaja volituste õiguslik alus
(seadus/põhikiri/volikiri), nimi, allkiri;
6. ühise pakkuja roll hankelepingu täitmisel.
Ühispakkumuses osalevad pakkujad peavad kinnitama, et vastutavad
pakkumuse tegemise eest ühiselt ja üksikult igaüks eraldi, jäävad
partneriteks kuni lepingulised kohustused hankija ees on täidetud.
III.1.4)Muud eritingimused:
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või
ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
Pakkuja on kantud Äriregistrisse või asukohamaa vastavasse registrisse
esitada Äriregistri B-kaardi koopia või asukohamaa analoogi koopia.
Välisriigi pakkujal kohustuslik esitada asukohamaa analoogia koopia.
2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud
asjaolu:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või
ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema eluvõi asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud
või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse
kohaselt;
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;
4) kes on esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetele vastavuse
kohta.
5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks
jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse,
olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust
koos erinevate teiste ühispakkujatega või on andnud teisele pakkujale
kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana
hankelepingu täitmisel.
Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vabas vormis vastavate asjaolude
puudumise kohta.
3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest
pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või
asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi
maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine
on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse
algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine
on täies ulatuses tagatud.
Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse
tähtpäevaks tasumata riiklike või eluvõi asukoha kohalike maksude ja
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis
ületab 100 EUR.
Nõutav dokument:
Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja riiklike maksude maksuvõla
puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, (milleks vastavalt
riigihangete seaduse § 29 lg-le 2 on hanketeate riiklikus riigihangete
registris avaldamise kuupäev) kontrollib hankija ise Maksu- ja
Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel. Pakkujal tuleb
esitada elu- või asukoha kohalike maksude võla puudumist hankemenetluse
algamise päeva seisuga kinnitav tõend.
Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud pakkujaga,
esitab pakkuja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise
kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise
päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on
hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul,
kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga
tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade
puudumise kohta.
4. Ühispakkujad esitavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise
ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks endi hulgast valitud
esindajale antud volikirja (Vorm 1).
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 (Volikiri ühispakkuja esindamise
kohta).
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
Pakkuja nõutavat minimaalset netokäivet tõendavad dokumendid.
2013 ja 2014. majandusaasta keskmine netokäive ühe hankeosa kohta ei
või kummalgi aastal olla väiksem kui 50 000 eurot aastas. Juhul kui
pakkuja majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga, kehtivad
netokäibe nõuded kahe viimase lõppenud majandusaasta osas. Viimase
lõppenud majandusaasta lõpust peab olema möödunud vähemalt 6 kuud
pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga.
Netokäive peab olema saavutatud järgmistes või samaväärsetes
tegevusvaldkondades:
Metsamajandust abistavad tegevused EMTAK kood 02401.
Maastiku hooldus ja korrashoid EMTAK kood 81301.
Elektri- ja sidevõrkude ehitus EMTAK kood: 42221.
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad EMTAK 02101.
Tegevusvaldkondade samaväärsuse hindaja on Hankija.
Juhul kui majandusaasta aruannetes EMTAKi koodi all ei kajastu vastavat
netokäivet, siis esitada pakkuja juhatuse liikme poolt allkirjastatud
põhjendatud selgitus, miks netokäive ei kajastu nõutud EMTAKi koodi
all.
Pakkuja esitab netokäibe nõuetele vastavuse kohta kirjaliku kinnituse.
Juhul kui pakkuja majandusaasta aruanded ei ole kättesaadavad hankijale
avalikest andmebaasidest, siis esitab pakkuja ka 2013. ja 2014. aasta
majandusaasta aruanded.
Juhul kui tegemist ei ole Eesti äriregistris registreeritud pakkujaga
esitab pakkuja nõutud majandusaasta aruanded.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1.
Pakkuja kinnitus, mille kohaselt omab ta eelnevat töökogemust
hanketeates nimetatud tööga iseloomult ja mahult samaväärse töö
teostamisel. Esitada tööde referents 2013., 2014. ja 2015. aastal
tehtud töödest koos töö tellija andmete ja töö maksumusega etteantud
vormil (Vorm 2). Esitatud referentside maht peab olema võrdne või
ületama 50 000 eurot osa kohta. Varasema töökogemuse samaväärsuse
hindaja on Hankija. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2
(Referentside loetelu).
2. Esitada hanketeates nimetatud tööde teostamiseks kasutatava ja
pakkuja omandis oleva tehnika nimekiri (registreerimisnumbritega) või
(eel)kokkuleppe koopia tööks nõutavat tehnikat omava või kasutava
äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjaga etteantud vormil (Vorm
3); Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 (Tehnika loetelu).
3. Pakkujal tuleb esitada kirjalik kinnitus etteantud vormil (Vorm 4).
1) Kinnitus, et pakkujal on:
1. Töö tegemiseks vajaliku väljaõppega personal.
2. Töötajatel ja muu lepingu alusel hankelepingu esemeks olevaid töid
teostavatel isikutel on töö iseloomule vastavad nõuetekohaste
kaitseomadustega isikukaitsevahendid, korrektsed tööriided ja pakkuja
logoga märgistused tööriietel ja -sõidukitel. Elektripaigaldistes,
nende juures või lähedal töötades peavad kaitserõivad vastama standardi
EN ISO 11612 või samaväärse nõuetele.
3. Töötoimingu eest vastutavaks määratud isikute eesti keele suuline ja
kirjalik oskus on vähemalt kesktasemele vastav, lülitajatel vähemalt
algtasemele vastav.
4. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel
vähemalt üks elektriala A-klassi pädevusega töötaja või leping
nimetatud õigustega isikuga.
5. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel
vähemalt üks madalpinge lülitamisõigustega töötaja või leping nimetatud
õigustega isikuga.
6. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu sõlmimisel tagab
pakkuja tööde teotamisel ühe töötoimingu eest vastutavaks määratud
isiku õigustega töötaja töökohal viibimise iga töörühma kohta.
7. Edukaks pakkujaks tunnistamise korral hankelepingu täitmisel on
töötajad juhendatud elektritööde teostamiseks Hankija
elektripaigaldistes, nende juures või lähedal, nende teadmised
kehtivate ohutuseeskirjade, sh Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi
(neljas väljaanne) nõuete tundmise osas on kontrollitud ja selle kohta
väljastatud vastavasisulised tunnistused on kehtivad.
2) Kinnitaus, et pakkuja nõustub edukaks pakkujaks tunnistamise korral
sõlmima kinnistute omanike kontaktandmete saamiseks e-kinnistusraamatu
kasutamise lepingu, mis on tasuline.
3) Kinnitus, et pakkujal puuduvad:
RHS § 38 lg 1 p 1-3 ja p 5-6 ning § 38 lg 2 nimetatud hankemenetlusest
kõrvaldamise alused.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 (Esitatavad kinnitused).
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava
personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei
IV osa: Hankemenetlus
IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Võrgustiku sektori hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide saamise
tingimused (v.a dünaamilise hankesüsteemi kohta)
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
22.2.2016 - 13:00
IV.3.5)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
eesti keel.
IV.3.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päevades: 120 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 22.2.2016 - 13:00
Pakkumuste avamise koht
Riigihangete register.
VI osa: Lisateave
VI.1)Teave hanke kordumise kohta
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti
ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave:
Infoks:
1. Hanketeate sisu kohta saab Hankijalt küsida selgitusi, pöördudes
Hankija poole Riigihangete registri Teabevahetuse töölehe kaudu.
Eelduseks on Hankijale Pakkuja kontaktandmete avaldamine,
registreerudes riigihanke osalejaks. Küsimuste vastused saavad kõik
hanke osalejad Riigihangete registri kaudu.
2. Kui dokumentide esitaja puhul on tegemist Pakkuja B-kaardil oleva
allkirjaõigusliku isikuga, piisab ühest digitaalsest allkirjast kõigi
esitatavate dokumentide puhul süsteem nõuab dokumentide esitamisel
digitaalallkirjastamist.
3. Teabevahetuse ja kvalifitseerimistingimuste töölehed muutuvad
Riigihangete registri kasutajatele nähtavaks siis, kui ollakse hankele
registreerunud. Hankesse on võimalik registreeruda kasutajatel, kes
tegutsevad registris Pakkuja rollis. Kui registri kasutaja on Pakkuja
nimel hankesse registreerunud, muutub süsteemis Teabevahetus tööleht
aktiivseks ja selle kaudu saab hankesse puutuvaid küsimusi esitada.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
EESTI
E-post: [12]vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: [13]http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
EESTI
E-post: [14]vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: [15]http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten für Schulgebäude - CH-Basel
Bauarbeiten für Schulgebäude
Dokument Nr...: 14373-2016 (ID: 2016011509202852154)
Veröffentlicht: 15.01.2016
*
CH-Basel: Bauarbeiten für Schulgebäude
2016/S 10/2016 14373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für
Submissionen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
E-Mail: [6]bvdsub@bs.ch
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Schoren Primarschule Neubau, BKP 401 Erdbewegungen, Belagsarbeiten.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45214200
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 196-355811 vom 9.10.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
6.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Implenia Schweiz AG
Burgfelderstraße 211
4055 Basel
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 449 831 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Begründung des Zuschlagsentscheides: Die Vergabe des Auftrages erfolgt
aufgrund des in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
Zuschlagskriteriums an die günstigste Anbieterin.
Rechtsmittelbelehrung: Soweit es sich nicht aus dieser Publikation
ergibt, können die Beteiligten innerhalb von 5 Tagen, von der
Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, verlangen,
dass ihnen durch einen weiteren Entscheid eröffnet wird, aus welchen
wesentlichen Gründen ihr Angebot nicht berücksichtigt wurde und worin
die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten
Angebotes liegen. Das Begehren ist schriftlich an das Bau- und
Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, 4001 Basel zu richten.
Rekurse sind innerhalb von 10 Tagen, von der Veröffentlichung im
Kantonsblatt Basel-Stadt oder von der Zustellung der ergänzenden
Begründung an gerechnet, an das Verwaltungsgericht Basel-Stadt,
Bäumleingasse 1, 4051 Basel zu richten. Die Rekursschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
soweit möglich beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.1.2016, Dok. 896929.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.1.2016
References
6. mailto:bvdsub@bs.ch?subject=TED
7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355811-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 15/01/2016 S10 - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene
Aufträge - Offenes Verfahren
die Schweiz-Basel: Bauarbeiten für Schulgebäude
2016/S 010-014373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fachstelle für
Submissionen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
E-Mail: [6]bvdsub@bs.ch
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Schoren Primarschule Neubau, BKP 401 Erdbewegungen, Belagsarbeiten.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45214200
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 196-355811 vom 9.10.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
6.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Implenia Schweiz AG
Burgfelderstraße 211
4055 Basel
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 449 831 CHF
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Begründung des Zuschlagsentscheides: Die Vergabe des Auftrages erfolgt
aufgrund des in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
Zuschlagskriteriums an die günstigste Anbieterin.
Rechtsmittelbelehrung: Soweit es sich nicht aus dieser Publikation
ergibt, können die Beteiligten innerhalb von 5 Tagen, von der
Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, verlangen,
dass ihnen durch einen weiteren Entscheid eröffnet wird, aus welchen
wesentlichen Gründen ihr Angebot nicht berücksichtigt wurde und worin
die ausschlaggebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten
Angebotes liegen. Das Begehren ist schriftlich an das Bau- und
Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, 4001 Basel zu richten.
Rekurse sind innerhalb von 10 Tagen, von der Veröffentlichung im
Kantonsblatt Basel-Stadt oder von der Zustellung der ergänzenden
Begründung an gerechnet, an das Verwaltungsgericht Basel-Stadt,
Bäumleingasse 1, 4051 Basel zu richten. Die Rekursschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
soweit möglich beizulegen.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.1.2016, Dok. 896929.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Umbau von Gebäuden - DE-Nürnberg
Umbau von Gebäuden
Dokument Nr...: 14473-2016 (ID: 2016011609015352312)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
DE-Nürnberg: Umbau von Gebäuden
2016/S 11/2016 14473
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Marientorgraben 11
Zu Händen von: Brigitte von Hormuzaki
90402 Nürnberg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 911/231-14582
E-Mail: [5]brigitte.hormuzaki@stadt.nuernberg.de
Fax: +49 911/231-5628
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Rothenburger Str. 45, Umbau und Nutzungsänderung zum Familienzentrum.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort:
DE254
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Abbruch, Baumeisterarbeiten, Trockenbau, Putz- und Stuck, Fliesen- und
Platten, Bodenbelag, Estrich, Maler und Lackierer, Tischler und
Schreiner, Metallbau, Trockenbau, Estrich, Schlosser, Naturstein,
Gerüstbau, Elektrotechnik, Sanitär, Heizung, Lüftung, Förderanlagen.
Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45262700
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
Geplanter Termin für
Beginn der Bauarbeiten: 14.1.2016
Abschluss der Bauarbeiten: 1.9.2017
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
II.8)Zusätzliche Angaben:
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13.1.2016
References
5. mailto:brigitte.hormuzaki@stadt.nuernberg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Werkstätten - FR-Metz
Bau von Werkstätten
Straßenbauarbeiten
Holzarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Dokument Nr...: 14573-2016 (ID: 2016011609023652404)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Metz: Bau von Werkstätten
2016/S 11/2016 14573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ESID de Metz
rue du Maréchal Lyautey CS 30 001
Zu Händen von: Mme Muller Catherine
57044 Metz Cedex 01
FRANKREICH
Telefon: +33 355748044
E-Mail: [4]usid-metz.marches@defense.gouv.fr
Fax: +33 355748029
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45213252, 45233120, 45422100, 45331000
Beschreibung
Bau von Werkstätten.
Straßenbauarbeiten.
Holzarbeiten.
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 15 SAI 261 Los-Nr: 1 la mise en oeuvre des installations
de chantier, d'une clôture de chantier périphérique, la réalisation des
réseaux et des voiries principales et d'accès aux ateliers, ainsi que
les aires de manoeuvre des ateliers
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Roussey SAS
rue Louis Freycinet, CS 20006
10120 Saint-André-les-Vergers
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 592 668,02 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
Auftrags-Nr: 15 SAI 262 Los-Nr: 2 la construction d'ateliers en
ossature et charpente bois, la réalisation de leurs fondations, la mise
en oeuvre des revêtements de sols et muraux, des plafonds suspendus et
des menuiseries intérieures et extérieures
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Le Batiment Associe
19 rue du Grand Pré, BP 19
51140 Muizon
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 917 328,32 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
Auftrags-Nr: 15 SAI 263 Los-Nr: 3 la mise en oeuvre de l'alimentation
électrique des ateliers, des systèmes de chauffage par pompe à chaleur,
de ventilations naturelles et mécaniques, de plomberie sanitaire et
d'air comprimé
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Groupement Idex Energies SAS
8 rue Mens, BP 80077
55002 Bar-le-Duc Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 894 346,11 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
4. mailto:usid-metz.marches@defense.gouv.fr?subject=TED
OT: 16/01/2016 S11 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Metz: Travaux de construction d'ateliers
2016/S 011-014573
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
ESID de Metz
rue du Maréchal Lyautey CS 30 001
À l'attention de: Mme Muller Catherine
57044 Metz Cedex 01
FRANCE
Téléphone: +33 355748044
E-mail: [6]usid-metz.marches@defense.gouv.fr
Fax: +33 355748029
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Brienne le Château (10) dépôt de munitions établissement principal
des munitions Champagne Picardie (EPMU-CP) construction de sept
ateliers de maintenance pyrotechnique modulaires ID 440914-39608.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La présente consultation concerne l'exécution des travaux de
construction de sept ateliers de maintenance pyrotechnique modulaires
sur le terrain de l'Établissement principal des munitions Champagne
Picardie (EPMU-CP), Dépôt de Munitions, à Brienne-le-Chateau (10).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45213252, 45233120, 45422100, 45331000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 70
2. Valeur technique. Pondération 30
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15-PMO03-447-449
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 154-283442 du 12.8.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15 SAI 261 Lot nº: 1 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la mise en oeuvre des
installations de chantier, d'une clôture de chantier périphérique, la
réalisation des réseaux et des voiries principales et d'accès aux
ateliers, ainsi que les aires de manoeuvre des ateliers
V.1)Date d'attribution du marché:
12.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Roussey SAS
rue Louis Freycinet, CS 20006
10120 Saint-André-les-Vergers
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 592 668,02 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 15 SAI 262 Lot nº: 2 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la construction
d'ateliers en ossature et charpente bois, la réalisation de leurs
fondations, la mise en oeuvre des revêtements de sols et muraux, des
plafonds suspendus et des menuiseries intérieures et extérieures
V.1)Date d'attribution du marché:
12.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Le Batiment Associe
19 rue du Grand Pré, BP 19
51140 Muizon
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1 917 328,32 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 15 SAI 263 Lot nº: 3 - Intitulé: Les travaux seront réalisés
conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP). Ils comprennent notamment: la mise en oeuvre de
l'alimentation électrique des ateliers, des systèmes de chauffage par
pompe à chaleur, de ventilations naturelles et mécaniques, de plomberie
sanitaire et d'air comprimé
V.1)Date d'attribution du marché:
12.11.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Groupement Idex Energies SAS
8 rue Mens, BP 80077
55002 Bar-le-Duc Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1 894 346,11 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n^o 15-123335, mise en ligne le 7.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
E-mail: [8]greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 326668687
Fax: +33 326210187
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne
E-mail: [9]greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 326668687
Fax: +33 326210187
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Datenarchivierung - CZ-Prag
Datenarchivierung
Help-Desk und Unterstützungsdienste
Informationssysteme und Server
Dokument Nr...: 14673-2016 (ID: 2016011609035852512)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
CZ-Prag: Datenarchivierung
2016/S 11/2016 14673
eská republika Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Sekce vyzbrojování
a akvizic MO, Zu Händen von: Ing. Jan Kuík, Praha 160 00, TSCHECHISCHE
REPUBLIK. Telefon: +420 973218151. E-Mail: kurikj@army.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 16.12.2015, [1]2015/S
243-441039)
Betr.:
CPV:72252000, 72253000, 48800000
Datenarchivierung
Help-Desk und Unterstützungsdienste
Informationssysteme und Server
Anstatt:
II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS ISO 14 721:2003 (Open
Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
dnech: 90 (ode dne zadání zakázky)
III.2.3) Technická zpsobilost:
Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standardem OAIS ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
System) a standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO
9001:2000 nebo obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
Pílohou tohoto seznamu musí být:
osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
dodáno veejnému zadavateli,
osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standard OAIS ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
System), podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a
digitální spisovny na území R.
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
29.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
29.1.2016 (10:00)
muss es heißen:
II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS ISO 14 721:2012 (Open
Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
dnech: 110 (ode dne zadání zakázky)
III.2.3) Technická zpsobilost:
Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standardem OAIS ISO 14 721 (Open Archival Infomation System) a
standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO 9001:2000 nebo
obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
Pílohou tohoto seznamu musí být:
osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
dodáno veejnému zadavateli,
osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standard OAIS ISO 14 721 (Open Archival Infomation System),
podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a digitální
spisovny na území R.
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
3.3.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
3.3.2016 (10:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441039-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 16/01/2016 S11 - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
ízení
eská republika-Praha: Poítaová archivace
2016/S 011-014673
eská republika Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Sekce vyzbrojování
a akvizic MO, K rukám: Ing. Jan Kuík, Praha 160 00, ESKÁ REPUBLIKA.
Tel.: +420 973218151. E-mail: kurikj@army.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 16.12.2015, [1]2015/S
243-441039)
Pedmt:
CPV:72252000, 72253000, 48800000
Poítaová archivace
Help desk a podprné sluby
Informaní systémy a servery
Namísto:
II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS ISO 14 721:2003 (Open
Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
dnech: 90 (ode dne zadání zakázky)
III.2.3) Technická zpsobilost:
Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standardem OAIS ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
System) a standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO
9001:2000 nebo obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
Pílohou tohoto seznamu musí být:
osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
dodáno veejnému zadavateli,
osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standard OAIS ISO 14 721:2003 (Open Archival Infomation
System), podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a
digitální spisovny na území R.
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
29.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
29.1.2016 (10:00)
tte:
II.1.5) Struný popis zakázky nebo nákupu():
Poízení systému pro dlouhodobé uchování digitálních záznam MO.
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO (dále
jen ESA MO) musí vycházet ze standardu OAIS ISO 14 721:2012 (Open
Archival Infomation System), podle kterého budou budovány vechny
elektronické archivy a digitální spisovny na území R.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení:
dnech: 110 (ode dne zadání zakázky)
III.2.3) Technická zpsobilost:
Podrobn uvedeny v zadávací dokumentaci: Splnní technických
kvalifikaních pedpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáe
uchaze, který v nabídce pedloí seznam dvou významných zakázek v
oblasti dodávek, jejich pedmtem byla realizace systému pro archivaci
a zálohování dat, realizovaných uchazeem v posledních 3 pedchozích
letech, kadá z nich ve finanním objemu min. 5 000 000 CZK s uvedením
jejich rozsahu a doby plnní. Tyto reference musí prokázat, e uchaze
je schopen plnit obdobné veejné zakázky na vysoké technické úrovni s
respektováním naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci
a slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standardem OAIS ISO 14 721 (Open Archival Infomation System) a
standard ady ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000 a SN EN ISO 9001:2000 nebo
obdobných norem, které tyto normy nahrazují.
Pílohou tohoto seznamu musí být:
osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud bylo zboí
dodáno veejnému zadavateli,
osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo zboí dodáno jiné.
Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
Celkové technologické eení Elektronického správního archívu MO musí
splovat naízení eIDAS (910/2014/ES) o elektronické identifikaci a
slubách vytváejících dvru pro elektronické transakce na vnitním
trhu a standard OAIS ISO 14 721 (Open Archival Infomation System),
podle kterého budou budovány vechny elektronické archivy a digitální
spisovny na území R.
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
3.3.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
3.3.2016 (10:00)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Metallwaren - FR-Colomiers
Metallwaren
Dokument Nr...: 1473-2016 (ID: 2016010509045138808)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
FR-Colomiers: Metallwaren
2016/S 2/2016 1473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Colomiers
1 place Alex Raymond, BP 30330
Zu Händen von: M. le maire
31776 Colomiers Cedex
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44316400
Beschreibung
Metallwaren.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sétin Quincaillerie
D921 route d'Elbeuf
27340 Martot
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
KDI
173/179 bd Félix Faure
93300 Aubervilliers
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Wurth
ZI Ouest, rue Georges Besse
67158 Erstein Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Barraque Peinture SAS
3 avenue Édouard Serres
31770 Colomiers
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Rexel
6 place de l'Échut
31770 Colomiers
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Infructueux
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Infructueux
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 15
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sider Chanteloiseau
CS 30024
33882 Villenave-d'Ornon Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 16
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
KDI
173/179 bd Félix Faure
93300 Aubervilliers
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 05/01/2016 S2 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Colomiers: Articles de quincaillerie
2016/S 002-001473
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Colomiers
1 place Alex Raymond, BP 30330
À l'attention de: M. le maire
31776 Colomiers Cedex
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Acquisition de fournitures pour l'entretien et la maintenance des
bâtiments de la Ville de Colomiers.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Colomiers.
Code NUTS FR62
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Acquisition de fournitures pour l'entretien et la maintenance des
bâtiments de la Ville de Colomiers.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316400
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 40
2. Prix des prestations. Pondération 40
3. Délais et conditions de livraison. Pondération 20
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
AG15014
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 138-254294 du 21.7.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Outillage à main, quincaillerie et consommables
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Sétin Quincaillerie
D921 route d'Elbeuf
27340 Martot
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 2 - Intitulé: Fer et dérivés
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
KDI
173/179 bd Félix Faure
93300 Aubervilliers
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 4 - Intitulé: Produits chimiques
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Wurth
ZI Ouest, rue Georges Besse
67158 Erstein Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 6 - Intitulé: Peinture
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Barraque Peinture SAS
3 avenue Édouard Serres
31770 Colomiers
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 7 - Intitulé: Appareillage électrique, câbles et fils
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Rexel
6 place de l'Échut
31770 Colomiers
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 8 - Intitulé: Matériaux de construction
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Infructueux
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 11 - Intitulé: Faux plafonds
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Infructueux
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 15 - Intitulé: Plomberie petites fournitures
V.1)Date d'attribution du marché:
3.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Sider Chanteloiseau
CS 30024
33882 Villenave-d'Ornon Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 16 - Intitulé: Équipement de protection individuelle
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
KDI
173/179 bd Félix Faure
93300 Aubervilliers
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce n° 15-110305, mise en ligne le 16.7.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.12.2015.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Articles R
421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de
la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).
Articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le
référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la
procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de
pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de
la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen - ES-Madrid
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Dokument Nr...: 14773-2016 (ID: 2016011609050152613)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
ES-Madrid: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
2016/S 11/2016 14773
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Fundación Internacional y para Iberoamércia de Administración y
Políticas Públicas
Calle Beatriz de Bobadilla 18
Kontaktstelle(n): Asesoría Jurídica
28040 Madrid
SPANIEN
E-Mail: [4]juridico@fiiapp.org
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fiiapp.org
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30000000
Beschreibung
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und
Softwarepaketen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 8.2.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Spanisch. Englisch.
References
4. mailto:juridico@fiiapp.org?subject=TED
5. http://www.fiiapp.org/
OT: 16/01/2016 S11 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
Spain-Madrid: Office and computing machinery, equipment and supplies
except furniture and software packages
2016/S 011-014773
Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Fundación Internacional y para Iberoamércia de Administración y
Políticas Públicas
Calle Beatriz de Bobadilla 18
Contact point(s): Asesoría Jurídica
28040 Madrid
SPAIN
E-mail: [6]juridico@fiiapp.org
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]http://www.fiiapp.org
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Other: public sector foundation
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Supply computer equipment for the seaport cooperation project III-IV
(SEACOP III-IV) (IFS/2014/352-450).
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Barbados, St Vincent and the Grenadines, Antigua and Barbuda, St Kitts
and Nevis, Dominica, Grenada, St Lucia, Monserrat, British Virgin
Islands, Anguilla, Trinidad and Tobago.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
The FIIAPP is looking to award a contract for the supply of IT
equipment that will be used to build capacities in the abovementioned
recipient countries.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
30000000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
180 000 VAT not included.
Estimated value excluding VAT: 180 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
in days: 30 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
The awardee will have to create a guarantee equivalent to 5 % of the
amount of the award. This guarantee will be created according to
article 96 of RD 3/2001, of 14 November, which approves the TRLCSP.
Likewise, proponents can choose within the final guarantee previously
defined or a Standby that has the following requirements:
At least 1 of the banking entities responsible for issuing the
Standby must be authorized to operate in Spain.
The value of this guarantee shall not be less than five percent (5 %)
of the total of the contract value.
Its validity shall be equal to the guaranteed contract term plus the
contractual deadline for settlement of the contract.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: This contract can be awarded to Spanish or
foreign legal persons, acting individually or under a joint venture
agreement.
The awarded companies must be legal persons whose objective or activity
is directly linked with the subject-matter of the contract and they
must have sufficient human and material resources to duly perform the
contract.
Non-EU companies must fulfil all requirements listed in Article 55 of
RD 3/2001, of 14 November, which approves the TRLCSP.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: A copy of the financial statement accrediting
sales of supplies by the bidding company of a minimum of 540 000 EUR in
2013 and in 2014 (each year).
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
Accreditation to prove the company is able to provide technical
services in the recipient countries (Barbados, St Vincent and the
Grenadines, Antigua and Barbuda, St Kitts and Nevis, Dominica, Grenada,
St Lucia, Monserrat, British Virgin Islands, Anguilla, Trinidad and
Tobago), in order to resolve any technical fault with the supplied
equipment. For this purpose, a letter will be submitted from the
company providing the technical service certifying said contract.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
SYS/0010/16
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 8.2.2016 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Spanish. English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 24.2.2016
Place:
Sede FIIAPP Calle Beatriz de Bobadilla 18.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Project III-IV (SEACOP
III-IV) (IFS/2014/352-450).
VI.3)Additional information
[8]http://fiiapp.org/en/servicios/
referenece nr: SYS/0010/16.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Blutbeutel - SE-Umeå
Blutbeutel
Dokument Nr...: 14873-2016 (ID: 2016011609055552715)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
SE-Umeå: Blutbeutel
2016/S 11/2016 14873
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Avdelning för upphandling
Zu Händen von: Jessica Forssén
SE-901 85 Umeå
SCHWEDEN
Telefon: +46 90-7858589
E-Mail: [4]jessica.forssen@vll.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.vll.se/upphandling
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.e-avrop.com/vll
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33141613
Beschreibung
Blutbeutel.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:jessica.forssen@vll.se?subject=TED
5. http://www.vll.se/upphandling
6. https://www.e-avrop.com/vll
7. https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
8. https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
OT: 16/01/2016 S11 - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Umeå: Blodpåsar
2016/S 011-014873
Meddelande om upphandling
Varor
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Avdelning för upphandling
Att: Jessica Forssén
SE-901 85 Umeå
SVERIGE
Telefon: +46 90-7858589
E-post: [6]jessica.forssen@vll.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: [7]www.vll.se/upphandling
Upphandlarprofil: [8]https://www.e-avrop.com/vll
Elektronisk tillgång till information:
[9]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27973
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar:
[10]https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=2797
3
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
kontaktpunkt(er)
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: ja
Norrbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Blodpåsar och komponentberedningsutrustning.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Umeå.
NUTS-kod SE331
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser blodpåsar och komponentberedningsutrustning för
Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Region
Jämtland Härjedalen.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
33141613
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
VLL 3-2016
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
23.2.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ultraschallanlage - RO-Cluj-Napoca
Ultraschallanlage
Medizinsoftwarepaket
Installation von bildgebenden Geräten
Dokument Nr...: 14973-2016 (ID: 2016011609065952807)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
RO-Cluj-Napoca: Ultraschallanlage
2016/S 11/2016 14973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca
Str. Victor Babes nr. 8
Kontaktstelle(n): Biroul Achizitii
Zu Händen von: ing. Budai Ioan, ec. Olimpia Maria Butnar
400012 Cluj-Napoca
RUMÄNIEN
Telefon: +40 264597256 /2131
E-Mail: [4]achizitii@umfcluj.ro
Fax: +40 264430896
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.umfcluj.ro
Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33112200, 48180000, 51411000
Beschreibung
Ultraschallanlage.
Medizinsoftwarepaket.
Installation von bildgebenden Geräten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 525 000 RON
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 23081
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medist Imaging & POC SRL
Str. Ion Urdareanu nr. 34, sector 5
050688 Bucuresti
RUMÄNIEN
E-Mail: [7]imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Internet-Adresse: [8]www.medist-imaging.ro
Fax: +40 214107028
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 527 690 RON
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 525 000 RON
ohne MwSt
References
4. mailto:achizitii@umfcluj.ro?subject=TED
5. http://www.umfcluj.ro/
6. http://www.e-licitatie.ro/
7. mailto:imaging@medist.ro?subject=TED
8. http://www.medist-imaging.ro/
OT: 16/01/2016 S11 - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
deschis
România-Cluj-Napoca: Ecograf
2016/S 011-014973
Anun de atribuire a contractului
Produse
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca
Str. Victor Babes nr. 8
Punct(e) de contact: Biroul Achizitii
În atenia: ing. Budai Ioan, ec. Olimpia Maria Butnar
400012 Cluj-Napoca
ROMÂNIA
Telefon: +40 264597256 /2131
E-mail: [6]achizitii@umfcluj.ro
Fax: +40 264430896
Adres (adrese) Internet:
Adresa general a autoritii contractante: [7]www.umfcluj.ro
Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
I.2)Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principal
Educaie
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului
1. Ecograf performant de varf;
2. Soft pentru ecograf performant de varf;
3. Ecograf performant;
4. Soft pentru ecograf performant.
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumprare
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca,
municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Adresa exacta se va preciza la semnarea contractului.
Cod NUTS RO113
II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
1. Ecograf performant de varf:
Ecograf stationar, de inalta performanta conceput pentru examinari 2D
si 4D, transtoracice si transesofagiene, ale sistemului cardiovascular
adult, pediatric, neonatal, dar si pentru aplicatii abdominale,
urologice, pentru obstetrica / ginecologie si parti moi, transcraniale,
ecografie cu substanta de contrast, ecografie interventionala.
2. Soft pentru ecograf performant de varf:
Optiuni software active permanent, compatibile cu ecograful de varf
pentru: caracterizarea cantitativa a miscarilor peretilor cordului,
calculul fractiei de ejectie in mod automat, folosirea sondelor
volumetrice.
3. Ecograf performant:
Ecograf stationar, de înalta performanta conceput pentru examinari
transtoracice si transesofagiene, ale sistemului cardiovascular adult
si a vaselor carotide, vertebrale si ale membrelor.
4. Soft pentru ecograf performant:
Optiuni software active permanent, compatibile cu ecocardiograful
performant stationar pentru: caracterizarea cantitativa a miscarilor
peretilor cordului, calculul fractiei de ejectie in mod automat,
imagistica Strain si Strain Rate.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
33112200, 48180000, 51411000
II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): da
II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
Valoare: 1 525 000 RON
Fr TVA
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschis
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
S-a organizat o licitaie electronic: nu
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant
11-2015
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
Anun de participare
Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 138-254412 din 21.7.2015
Seciunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 23081 Denumire: Ecograf performant de varf, soft pentru
ecograf performant de varf, ecograf performant, soft pentru
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
26.11.2015
V.2)Informaii privind ofertele
Numrul de oferte primite: 1
V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
o decizie de atribuire a contractului
Medist Imaging & POC SRL
Str. Ion Urdareanu nr. 34, sector 5
050688 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [10]imaging@medist.ro
Telefon: +40 214107026
Adres Internet: [11]www.medist-imaging.ro
Fax: +40 214107028
V.4)Informaii privind valoarea contractului
Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
Valoare: 1 527 690 RON
Fr TVA
Valoarea total final a contractului:
Valoare: 1 525 000 RON
Fr TVA
V.5)Informaii privind subcontractarea
Este posibil subcontractarea: nu
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) i/sau program(e): Proiect cu finantare
nerambursabila Proiect POSDRU/179/3.2/S/152289.
VI.2)Informaii suplimentare:
În situatia în care pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu
acelasi pret comisia va solicita clarificari prin inetermediul
facilitatilor SEAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor
documente ce vor contine o noua propunere financiara.
VI.3)Ci de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [12]office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adres Internet: [13]http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Oficiul
Juridic
Str. Victor Babes nr. 8
400012 Cluj-Napoca
ROMÂNIA
E-mail: [14]gluminita@umfcluj.ro
Telefon: +40 264597256-2188
Fax: +40 264430896
VI.4)Data expedierii prezentului anun:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittellösungen - PL-Kranik
Arzneimittellösungen
Dokument Nr...: 15073-2016 (ID: 2016011609081352906)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
PL-Kranik: Arzneimittellösungen
2016/S 11/2016 15073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kraniku
ul. Chopina 13
Zu Händen von: Rafa Poleszak
23-200 Kranik
POLEN
Telefon: +49 8251356
E-Mail: [4]gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spzoz.krasnik.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33692000
Beschreibung
Arzneimittellösungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocaw
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 135 036,46 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp z o.o.
ul. Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 252 323,10 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 188 922,96 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 6 453,54 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Unitrans Sp.j.
ul. Borsucza 9
05-410 Józefów-Michalin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 92 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Profarm PS Sp. z o.o.
ul. Soneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 43 730,56 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Anpharm S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 027,40 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 227 747,77 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Amgen Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 107 163 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
References
4. mailto:gtargosinski@spzoz.krasnik.pl?subject=TED
5. http://www.spzoz.krasnik.pl/
OT: 16/01/2016 S11 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Kranik: Roztwory lecznicze
2016/S 011-015073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kraniku
ul. Chopina 13
Osoba do kontaktów: Rafa Poleszak
23-200 Kranik
POLSKA
Tel.: +49 8251356
E-mail: [6]gtargosinski@spzoz.krasnik.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.spzoz.krasnik.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa pynów infuzyjnych i leków dla SPZOZ Kranik.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Leki i pyny infuzyjne róne.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
33692000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin patnoci. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 203-368353 z dnia 20.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet I
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocaw
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 135 036,46 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet II
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp z o.o.
ul. Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 252 323,10 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Pakiet III
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 188 922,96 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Pakiet IV
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 6 453,54 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Pakiet V
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Unitrans Sp.j.
ul. Borsucza 9
05-410 Józefów-Michalin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 92 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Pakiet VI
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Profarm PS Sp. z o.o.
ul. Soneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 43 730,56 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Pakiet VII
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Anpharm S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 5 027,40 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Pakiet VIII
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 227 747,77 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Cz nr: 9 - Nazwa: Pakiet IX
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Amgen Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 107 163 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen - RO-Arad
Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
Dokument Nr...: 15173-2016 (ID: 2016011609090153010)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
RO-Arad: Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
2016/S 11/2016 15173
Serviciul de Ambulanta Judetean Arad, Str. Oituz nr. 1-5, Serviciul
Achizitii, Zu Händen von: Hamza Florina, Arad 310038, RUMÄNIEN.
Telefon: +40 755113811. Fax: +40 257233144. E-Mail: aradsaj@gmail.com
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 13.1.2016, [1]2016/S
008-010041)
Betr.:
CPV:50110000, 34300000, 71631200
Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
Technische Kontrolle von Kraftfahrzeugen
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 13.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010041-2016:TEXT:DE:HTML
2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 16/01/2016 S11 - - Servicii - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Arad: Servicii de reparare i de întreinere a autovehiculelor
i a echipamentelor conexe
2016/S 011-015173
Serviciul de Ambulanta Judetean Arad, Str. Oituz nr. 1-5, Serviciul
Achizitii, În atenia: Hamza Florina, Arad 310038, ROMÂNIA. Telefon:
+40 755113811. Fax: +40 257233144. E-mail: aradsaj@gmail.com
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 13.1.2016,
[1]2016/S 008-010041)
În ceea ce privete:
CPV:50110000, 34300000, 71631200
Servicii de reparare i de întreinere a autovehiculelor i a
echipamentelor conexe
Piese i accesorii pentru vehicule i pentru motoare de vehicule
Servicii de inspecie tehnic a automobilelor
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 13.1.2016, se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - FR-Perpignan
Reinigungsdienste
Reinigungs- und Hygienedienste
Büroreinigung
Dokument Nr...: 15273-2016 (ID: 2016011609100353106)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Perpignan: Reinigungsdienste
2016/S 11/2016 15273
OPH Perpignan Méditerranée, 113 boulevard Aristide Briand, CS 90349, Zu
Händen von: M. Maréchaux Philippe, Perpignan Cedex 66863, FRANKREICH.
Telefon: +33 468662987. Fax: +33 468662983. E-Mail:
marchespublics@oph-perpignan.com
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 22.12.2015, [1]2015/S
247-449929)
Betr.:
CPV:90910000, 90900000, 90919200
Reinigungsdienste
Reinigungs- und Hygienedienste
Büroreinigung
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
Der Auftrag wird möglicherweise Gegenstand einer neuen Veröffentlichung
sein
Weitere zusätzliche Informationen
Procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, le besoin
du pouvoir adjudicateur devant être redéfini, notamment en ce qui
concerne la répartition du patrimoine et des lots.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce
n^o 15-189587, mise en ligne le 18.12.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449929-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Informations complémentaires -
Procédure ouverte
France-Perpignan: Services de nettoyage
2016/S 011-015273
OPH Perpignan Méditerranée, 113 boulevard Aristide Briand, CS 90349, À
l'attention de: M. Maréchaux Philippe, Perpignan Cedex 66863, FRANCE.
Téléphone: +33 468662987. Fax: +33 468662983. E-mail:
marchespublics@oph-perpignan.com
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.12.2015,
[1]2015/S 247-449929)
Objet:
CPV:90910000, 90900000, 90919200
Services de nettoyage
Services de nettoyage et d'hygiène
Services de nettoyage de bureaux
Procédure incomplète
La procédure de passation a été interrompue
Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication
Autres informations complémentaires
Procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, le besoin
du pouvoir adjudicateur devant être redéfini, notamment en ce qui
concerne la répartition du patrimoine et des lots.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce
n^o 15-189587, mise en ligne le 18.12.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels - FR-Bauge-en-Anjou
Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
Dokument Nr...: 15373-2016 (ID: 2016011609105753206)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Bauge-en-Anjou: Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels
2016/S 11/2016 15373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hôpital du Baugeois et de la Vallée
9 chemin de Rancan Bauge
Zu Händen von: Mme Pesce Christine, directeur par interim
49150 Bauge-en-Anjou
FRANKREICH
Telefon: +33 241841384
E-Mail: [4]cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr
Fax: +33 241575010
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.klekoon.com
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
55000000
Beschreibung
Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des
Einzelhandels.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
10.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr?subject=TED
5. http://www.klekoon.com/
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
France-Bauge-en-Anjou: Services d'hôtellerie, de restauration et de
commerce au détail
2016/S 011-015373
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Hôpital du Baugeois et de la Vallée
9 chemin de Rancan Bauge
À l'attention de: Mme Pesce Christine, directeur par interim
49150 Bauge-en-Anjou
FRANCE
Téléphone: +33 241841384
E-mail: [6]cellule.marches@hopital-baugeois-vallee.fr
Fax: +33 241575010
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.klekoon.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Prestation de restauration collective concédée pour les Etablissements
de Santé Baugeois Vallée.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 17: Services d'hôtellerie et de restauration
Code NUTS FR512
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La présente consultation a pour objet de confier à un prestataire les
prestations d'approvisionnement, de gestion et d'assistance technique
du service restauration des Etablissements de Santé Baugeois Vallée. Il
est passé pour une période ferme de 21 mois allant du 1er juin 2016 au
28 février 2018, reconductible 2 fois par période de 12 mois.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
55000000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 1.6.2016. Fin 28.2.2018
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Néant.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Le financement du présent marché sera effectué sur le budget de
fonctionnement des Etablissements de Santé Baugeois Vallée.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Certificats établis par des services chargés du contrôle
de la qualité et habilités à attester de la conformité des fournitures
par des références à certaines spécifications techniques.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Attestation d'assurance pour les risques professionnels;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement au cours des trois dernières
années.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Liste des principales fournitures ou principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Qualité des repas servis. Pondération 40
2. Performances en matière de développement durable. Pondération 5
3. Assistance technique. Pondération 15
4. Coût global de la prestation. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
2016-AO-05
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
10.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est
téléchargeable gratuitement à partir du lien suivant:
[8]http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.a
sp?consultation_ID=58834.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Ile-Gloriette CS 24111
44041 Nantes Cedex
E-mail: [9]greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen - PL-ód
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 15473-2016 (ID: 2016011609115553308)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
PL-ód: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
2016/S 11/2016 15473
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania ód Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Zu Händen von: Rafa Krogulecki
91-842 ód
POLEN
Telefon: +42 6160414
E-Mail: [4]przetargi@mpolodz.pl
Fax: +42 6160751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mpolodz.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
Beschreibung
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
24.2.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:przetargi@mpolodz.pl?subject=TED
5. http://www.mpolodz.pl/
OT: 16/01/2016 S11 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-ód: Usugi zwizane z odpadami
2016/S 011-015473
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania ód Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Osoba do kontaktów: Rafa Krogulecki
91-842 ód
POLSKA
Tel.: +42 6160414
E-mail: [6]przetargi@mpolodz.pl
Faks: +42 6160751
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mpolodz.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
rodowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Przetarg nieograniczony na usug odbioru i zagospodarowania odpadów o
kodzie 19 12 12 balast luzem.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces
przetwarzania odzysku odpadów wytworzonych w procesie sortowania
zmieszanych odpadów komunalnych w iloci do 16000 Mg w trakcie trwania
umowy z moliwoci zmniejszenia tej iloci do 50 %. Odpady, które
stanowi przedmiot zamówienia to odpady o kodzie 19 12 12 (Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne ni wymienione w 19 12 11), frakcja luna powyej 80 mm.
Odpady te posiadaj posta sta. Odpady przekazywane do
zagospodarowania bd transportowane przez Wykonawc na jego koszt.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90500000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesicach: 8 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta skadana przez wykonawc musi by zabezpieczona wadium w
wysokoci 25 000 PLN (sownie: dwadziecia pi tysicy z.)
Dopuszczalne formy wadium:
Pienidz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajcego).
Porczenia bankowe lub porczenia spódzielczej kasy oszczdnociowo
kredytowej, z tym, e porczenie kasy jest zawsze porczeniem
pieninym
Gwarancje bankowe
Gwarancje ubezpieczeniowe
Porczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z pón. zm.).
Wadium w formie pieninej wykonawca wpaci przelewem na konto
zamawiajcego w: Bank Pekao SA III O/ód nr
21124030601111000034523764.
Wadium w pozostaych formach naley zoy w oryginale w oddzielnej
kopercie razem z ofert z oznaczeniem Wadium .
Kserokopi potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieninej lub
kserokopi wadium wniesionego w formie innej ni pienina naley
doczy do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowaln form wadium
zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wykonawca, który nie wniesie
wadium zostanie wykluczony z postpowania.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy:
Posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci w zakresie
objtym przedmiotem zamówienia.
Aktualne pozwolenie do prowadzenia dziaalnoci w zakresie transportu
odpadów o kodzie 191212 (Inne odpady w tym zmieszane substancje i
przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 191211)
w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2013 nr 0
poz. 21 z pó. zm.)), wasne lub podwykonawcy
Pozwolenie decyzja na przetwarzanie odzysk obejmujce pen ilo
przyjtych od Zamawiajcego odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady (w
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne ni wymienione w 19 12 11).
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy znajduj si w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Kady wykonawca
musi posiada opacon polis OC w zakresie prowadzonej dziaalnoci na
minimum 1 000 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy dysponuj odpowiednim
dowiadczeniem zapewniajcym naleyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 Kady wykonawca musi wykaza w wykazie usugi zrealizowane, w okresie
ostatnich 3 lat przed terminem zoenia ofert, a jeli okres
dziaalnoci jest krótszy, w tym okresie, gówne usugi w rozumieniu §1
ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakie moe da zamawiajcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mog by skadane, polegajce na wykonywaniu usug
odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym wykonaniem minimum co
najmniej 1 usugi zagospodarowania odpadów w iloci co najmniej 15 000
Mg, o kodzie 191212 (inne odpady w tym zmieszane substancje i
przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne ni wymienione w 191211)
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem zoenia ofert a
jeli okres dziaalnoci jest krótszy, w tym okresie.
Przez sformuowanie usuga, Zamawiajcy rozumie zrealizowanie jednej
usugi dla jednego Zamawiajcego/Zlecajcego.
2 Kady wykonawca musi wskaza czy w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem zoenia ofert, wystpiy usugi niewykonane lub wykonane
nienaleycie, w rozumieniu §1 ust. 4 rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie moe
da zamawiajcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane.
3 Zamawiajcy uzna, e powyszy warunek udziau w postpowaniu jest
speniony a Wykonawca gwarantuje naleyte wykonanie udzielanego
zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawc usugi wykona lub
wykonuje naleycie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena. Waga 90
2. Termin patnosci. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
ZP/02/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpatne: nie
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
24.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
Okres w miesicach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.2.2016
Miejscowo:
ód.
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.4.2)Skadanie odwoa
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Wartung von Aufzugsanlagen - FR-Argenteuil
Wartung von Aufzugsanlagen
Installation von Aufzügen und Rolltreppen
Dokument Nr...: 15573-2016 (ID: 2016011609130053420)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Argenteuil: Wartung von Aufzugsanlagen
2016/S 11/2016 15573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
AB Habitat- OPH d'Argenteuil-Bezons
39 boulevard Léon Feix
Kontaktstelle(n): Service marchés
95100 Argenteuil
FRANKREICH
Telefon: +33 134235174
E-Mail: [4]s-marches@ab-habitat.fr
Fax: +33 134235126
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]https://www.ab-habitat.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
5_PEAf1gZD4N
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50750000, 45313000
Beschreibung
Wartung von Aufzugsanlagen.
Installation von Aufzügen und Rolltreppen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015037 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Otis
Patrimoine public et social, 1 route du port de Gennevilliers
92110 Clichy-la-Garenne
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:s-marches@ab-habitat.fr?subject=TED
5. https://www.ab-habitat.fr/
6. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_PEAf1gZD4N
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Argenteuil: Services d'entretien d'ascenseurs
2016/S 011-015573
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
AB Habitat- OPH d'Argenteuil-Bezons
39 boulevard Léon Feix
Point(s) de contact: Service marchés
95100 Argenteuil
FRANCE
Téléphone: +33 134235174
E-mail: [6]s-marches@ab-habitat.fr
Fax: +33 134235126
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]https://www.ab-habitat.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_201
5_PEAf1gZD4N
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Prestations d'entretien, maintenance et dépannage, et travaux de
réparation, rénovation et mise en conformité des ascenseurs sur
l'ensemble des résidences du patrimoine d'AB Habitat.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Prestations d'entretien, maintenance et dépannage, et travaux de
réparation, rénovation et mise en conformité des ascenseurs sur
l'ensemble du patrimoine immobilier d'AB Habitat (nombre actuel
d'appareils: 317 ascenseurs et monte-charges). Le marché comprend 2
lots techniques: lot 1 entretien, maintenance et dépannage des
ascenseurs; lot 2 travaux de réparation, rénovation, modernisation et
mise en conformité des ascenseurs. Il inclut des prestations sur
forfait pour le lot n° 1 et des prestations réalisées, en fonction des
besoins, sur bons de commande et rémunérées par l'application de prix
unitaires (lots n° 1 et n° 2).
Pour information, au vu du volume des travaux réalisés les années
précédentes, le montant prévisionnel des commandes, est de 400 000 EUR
(HT). Par an. Ce montant est uniquement indicatif, en aucun cas AB
Habitat ne s'engage à passer des commandes à hauteur de ce montant.
Le marché prend effet à compter de la date suivante:
soit le 1.1.2016,
soit à la date de notification si celle-ci est postérieure au
1.1.2016.
Le marché est conclu pour une période allant de la date d'effet du
marché jusqu'au 31.12.2019, sauf résiliation à l'issue de la première
année, notifiée au titulaire au moins 3 mois avant la date du
31.12.2016.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50750000, 45313000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Qualité de l'offre. Pondération 60
2. Prix de l'offre. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 175-318296 du 10.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015037 Lot nº: 1 - Intitulé: Prestations d'entretien,
maintenance et dépannage, et travaux de réparation, rénovation et mise
en conformité des ascenseurs sur l'ensemble du patrimoine immobilier
d'AB Habita
V.1)Date d'attribution du marché:
30.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Otis
Patrimoine public et social, 1 route du port de Gennevilliers
92110 Clichy-la-Garenne
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Les modalités de consultation du contrat, dans le respect des secrets
protégés par la loi, sont les suivantes: consultation dans les locaux
du Siège d'AB Habitat, après rendez-vous fixé sur demande écrite
(courrier/fax/mail) adressée au service Marchés (cf. adresse supra).
Selon les cas, l'avis de la CADA sur la communicabilité de certaines
informations pourra être sollicité
Montant du marché: 475 001 EUR par an (partie forfaitaire) Partie à
bons de commande sans minimum, ni maximum.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce no 15-136359, mise en ligne le 7.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 322
95027 Cergy-Pontoise
E-mail: [10]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 322
95027 Cergy-Pontoise
E-mail: [11]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.4)Date denvoi du présent avis:
12.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bearbeitung und Clearing - FR-Andernos-les-Bains
Bearbeitung und Clearing
Dokument Nr...: 15673-2016 (ID: 2016011609140153517)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Andernos-les-Bains: Bearbeitung und Clearing
2016/S 11/2016 15673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
CDC Bassin d'Arcachon Nord
46 avenue des Colonies
Zu Händen von: M. le président
33510 Andernos-les-Bains
FRANKREICH
Telefon: +33 557761717
E-Mail: [4]contact@coban-atlantique.fr
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]https://marchespublics-aquitaine.org
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66133000
Beschreibung
Bearbeitung und Clearing.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 201512SE001
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Le Chèque Déjeuner
27/29 avenue deS Louvresses
92234 Gennevilliers
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:contact@coban-atlantique.fr?subject=TED
5. https://marchespublics-aquitaine.org/
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Andernos-les-Bains: Services de traitement d'opérations et
services de compensation
2016/S 011-015673
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
CDC Bassin d'Arcachon Nord
46 avenue des Colonies
À l'attention de: M. le président
33510 Andernos-les-Bains
FRANCE
Téléphone: +33 557761717
E-mail: [6]contact@coban-atlantique.fr
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]https://marchespublics-aquitaine.org
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Émission de titres restaurant.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6b:
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché a pour objet l'émission et la mise à disposition par
le prestataire de titres de restauration, sur support papier, auprès de
la COBAN Atlantique.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66133000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Rémunération du prestataire. Pondération 60
2. Services proposés aux salariés: Conditions de reprise des tickets
anciens, détériorés et volés, avantages auprès d'enseignes partenaires,
services supplémentaires. Pondération 20
3. Critère environnemental: effort de l'entreprise concernant la prise
en compte du développement durable: papier et emballage utilisés /10
(la note maximale sera attribuée si le papier est entièrement recyclé),
certification, démarche qualité, utilisation d'encre respectueuses de
l'environnement /10.. Pondération 20
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015TRE
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 204-370814 du 21.10.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 201512SE001 Intitulé: Émission de titres restaurant
V.1)Date d'attribution du marché:
28.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Le Chèque Déjeuner
27/29 avenue deS Louvresses
92234 Gennevilliers
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-159152, mise en ligne le 19.10.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux Cedex
E-mail: [9]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des marchés
publics
4b esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux Cedex
Téléphone: +33 556906530
Fax: +33 556906500
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux Cedex
E-mail: [10]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556906500
VI.4)Date denvoi du présent avis:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - FR-Flers
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Bleifreies Benzin
Dieselkraftstoff
Heizöl
Dokument Nr...: 1573-2016 (ID: 2016010509061238903)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
FR-Flers: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
2016/S 2/2016 1573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Flers
5 avenue du Château, CS 70229
Kontaktstelle(n): Accueil de la mairie de Flers
Zu Händen von: Anick Prével
61104 Flers Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 233646600
E-Mail: [4]infos@mairie-flers61.fr
Fax: +33 233646633
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.centraledesmarches.com
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[6]http://www.centraledesmarches.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09000000, 09132100, 09134200, 09135100
Beschreibung
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
Energiequellen.
Bleifreies Benzin.
Dieselkraftstoff.
Heizöl.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 055
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
La SAS Compagnie Pétrolière de l'ouest
11 route de Pompierre
44186 Nantes Cedex 4
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:infos@mairie-flers61.fr?subject=TED
5. http://www.centraledesmarches.com/
6. http://www.centraledesmarches.com/
OT: 05/01/2016 S2 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Flers: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres
sources d'énergie
2016/S 002-001573
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Flers
5 avenue du Château, CS 70229
Point(s) de contact: Accueil de la mairie de Flers
À l'attention de: Anick Prével
61104 Flers Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 233646600
E-mail: [6]infos@mairie-flers61.fr
Fax: +33 233646633
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.centraledesmarches.com
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [8]http://www.centraledesmarches.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Produits Pétroliers Raffinés Liquides approvisionnement 2016.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Divers sites, 61100 Flers.
Code NUTS FR253
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture de fioul domestique pour le chauffage des bâtiments
communaux et de carburants pour les véhicules municipaux (gazole,
gazole non routier, super sans plomb 95 et 98, additif).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09000000, 09132100, 09134200, 09135100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 172-312495 du 5.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 055 Intitulé: Fourniture de fioul domestique pour le
chauffage des bâtiments communaux et de carburants pour les véhicules
municipaux (gazole, gazole non routier, super sans plomb 95 et 98,
additif)
V.1)Date d'attribution du marché:
24.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
La SAS Compagnie Pétrolière de l'ouest
11 route de Pompierre
44186 Nantes Cedex 4
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Les montants minimum et maximum ont été arrêtés comme suit:
minimum: 300 000 EUR HT
maximum: 1 200 000 EUR (HT).
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce n^o 15-134163, mise en ligne le 3.9.2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur le Duc
14050 Caen Cedex
E-mail: [10]greffe.ta-caen@juradm.fr
Téléphone: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
greffe du Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur le Duc
14050 Caen Cedex
E-mail: [11]greffe.ta-caen@juradm.fr
Téléphone: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.4)Date denvoi du présent avis:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Überlassung von Bürokräften - NL-Den Haag
Überlassung von Bürokräften
Dokument Nr...: 15773-2016 (ID: 2016011609151453618)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
NL-Den Haag: Überlassung von Bürokräften
2016/S 11/2016 15773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
DMO
Postbus 90822, MPC 58A
Kontaktstelle(n): DMO afd. Verwerving cluster Diensten
2509 LV Den Haag
NIEDERLANDE
E-Mail: [4]Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.defensie.nl/dmo
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79621000
Beschreibung
Überlassung von Bürokräften.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 232 440 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Caesar Groep
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 232 440 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl?subject=TED
5. http://www.defensie.nl/dmo
OT: 16/01/2016 S11 - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
procedure
Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van
kantoorpersoneel
2016/S 011-015773
Aankondiging van een gegunde opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
DMO
Postbus 90822, MPC 58A
Contactpunt(en): DMO afd. Verwerving cluster Diensten
2509 LV Den Haag
NEDERLAND
E-mail: [6]Inkoop.IV.Diensten@mindef.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]www.defensie.nl/dmo
I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of
plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
4300060027 Sr Systeemontwikkelaar.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 22: Diensten voor plaatsing van personeel en
personeelsverschaffing
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Utrecht.
NUTS-code NL
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een opdracht (opdrachten) gebaseerd op een
dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
4300060027 Sr Systeemontwikkelaar.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
79621000
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
neen
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 232 440 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 30
2. Kwaliteit. Weging 30
3. Beschikbaarheid. Weging 10
4. Match. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
4300060027
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Perceel nr: 1 - Titel: 4300060027 Sr Systeemontwikkelaar
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
1.1.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Caesar Groep
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 232 440 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 1
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Inkoop IT maakt gebruik van het recht recht op de optie op verlenging.
Nieuwe periode: 1.1.2016 t/m 31.12.2016.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenverarbeitungsdienste - FR-Niort
Datenverarbeitungsdienste
Dokument Nr...: 15873-2016 (ID: 2016011609160753717)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Niort: Datenverarbeitungsdienste
2016/S 11/2016 15873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Commune de Niort
1 place Martin Bastard, CS 58755
Zu Händen von: Le maire ou son adjoint délégué
79027 Niort
FRANKREICH
E-Mail: [4]marchespublics@mairie-niort.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.vivre-a-niort.com
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.achatpublic.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72500000
Beschreibung
Datenverarbeitungsdienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 95 444,16 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 15165B014
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Berger Levrault SA
64 rue Jean Rostand
31670 Labège
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 95 444,16 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:marchespublics@mairie-niort.fr?subject=TED
5. http://www.vivre-a-niort.com/
6. http://www.achatpublic.com/
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Niort: Services informatiques
2016/S 011-015873
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Commune de Niort
1 place Martin Bastard, CS 58755
À l'attention de: Le maire ou son adjoint délégué
79027 Niort
FRANCE
E-mail: [6]marchespublics@mairie-niort.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://www.vivre-a-niort.com
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.achatpublic.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Tierce maintenance applicative et développement des logiciels Sedit
gestion ressources humaines, Sedit gestion finances, Atal II et AsWeb.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 7: Services informatiques et services connexes
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Niort, 79000.
Code NUTS FR533
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Tierce maintenance applicative et développement des logiciels Sedit
gestion ressources humaines, Sedit gestion finances, Atal II et AsWeb.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
72500000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 95 444,16 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
DSIT 2015-61
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15165B014 Intitulé: Tierce maintenance applicative et
développement des logiciels Sedit gestion ressources humaines, Sedit
gestion finances, Atal II et AsWeb
V.1)Date d'attribution du marché:
10.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Berger Levrault SA
64 rue Jean Rostand
31670 Labège
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 95 444,16 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Les contrats sont consultables dans les locaux de la collectivité. Cet
avis vaut publicité de la décision de signer.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Poitiers
15 r de Blossac, BP 541
86020 Poitiers
Organe chargé des procédures de médiation
comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
relatifs aux marchés publics de Bordeaux
4 b esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux
Téléphone: +33 556906530
Fax: +33 556906500
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Poitiers
15 r de Blossac, BP 541
86020 Poitiers
VI.4)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke - FR-Nizza
Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
CNC-Drehmaschine
Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung
Installation von Werkzeugmaschinen
Dokument Nr...: 15973-2016 (ID: 2016011609164853818)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Nizza: Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
2016/S 11/2016 15973
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Métropole Nice Côte d'Azur
455 promenade des Anglais
Zu Händen von: M. le président de la Métropole Nice Côte d'Azur
06364 Nice Cedex 4
FRANKREICH
Telefon: +33 489981033
E-Mail: [4]dao@nicecotdazur.org
Fax: +33 489981000
Weitere Auskünfte erteilen: uniquement par la plateforme ou par mail à:
[5]marches.tramway@nicecotedazur.org / [6]dao@nicecotedazur.org
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: métropole Nice
Côte d'azur direction tramway direction administrative et
financière (Uniquement RC, Dc1 et Dc2), 455 promenade des anglais le
plaza, F-06364 Nice Cedex 4. Tél. (+33) 4 89 98 17 30. Fax (+33) 4 89
98 17 75
Internet-Adresse: [7]http://www.e-marches06.fr
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: métropole Nice Côte
d'azur direction des contrats publics / marchés publics, 45 rue
gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4
Internet-Adresse: [8]http://www.e-marches06.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
42611000, 42621100, 42632000, 51530000
Beschreibung
Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke.
CNC-Drehmaschine.
Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung.
Installation von Werkzeugmaschinen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 11.2.2016 - 16:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
11.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:dao@nicecotdazur.org?subject=TED
5. mailto:marches.tramway@nicecotedazur.org?subject=TED
6. mailto:dao@nicecotedazur.org?subject=TED
7. http://www.e-marches06.fr/
8. http://www.e-marches06.fr/
OT: 16/01/2016 S11 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
négociée
France-Nice: Machines-outils à usage spécifique
2016/S 011-015973
Avis de marché secteurs spéciaux
Fournitures
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Métropole Nice Côte d'Azur
455 promenade des Anglais
À l'attention de: M. le président de la Métropole Nice Côte d'Azur
06364 Nice Cedex 4
FRANCE
Téléphone: +33 489981033
E-mail: [6]dao@nicecotdazur.org
Fax: +33 489981000
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: uniquement par la plateforme ou par mail à:
[7]marches.tramway@nicecotedazur.org / [8]dao@nicecotedazur.org
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un système
dacquisition dynamique) peuvent être obtenus: métropole Nice Côte
d'azur direction tramway direction administrative et financière
(Uniquement RC, Dc1 et Dc2), 455 promenade des anglais le plaza,
F-06364 Nice Cedex 4. Tél. (+33) 4 89 98 17 30. Fax (+33) 4 89 98 17 75
Adresse internet: [9]http://www.e-marches06.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: métropole Nice Côte d'azur direction des contrats publics /
marchés publics, 45 rue gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4
Adresse internet: [10]http://www.e-marches06.fr
I.2)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
adjudicatrices: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché par lentité adjudicatrice:
Extension du reseau tramway de nice equipements dépôt eqd01: tour
en fosse.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Territoire de la Métropole Nice Côte
d'azur.
Code NUTS FR823
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché
négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application
des articles 144 I 1, 165 et 166 du Code des Marchés Publics.
Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la
fabrication, les fournitures, l'installation, les essais et mises en
service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de
rechange, documentation...) du tour en fosse et de ses accessoires.
le tour en fosse pour le reprofilage des roues de tramway comprend
notamment:
un tour à reprofiler avec l'ensemble de ses accessoires,
un système de halage du tramway par « Stinger »,
un broyeur à copeaux,
un convoyeur de transfert des copeaux,
une benne de récupération des copeaux,
un équipement de mesure et de contrôle.
l'ensemble des équipements sera installé sur la voie de reprofilage
située dans l'atelier du centre de maintenance Nikaïa.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42611000, 42621100, 42632000, 51530000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Information sur les lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 17 mois
le marché ne sera pas reconduit.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Des avenants et/ou des marchés
complémentaires et/ou des prestations similaires (articles 144 II 6 et
144 II 7 du code des marchés publics) pourront être conclus, dans le
respect des seuils de mise en concurrence fixés par le code des marchés
publics.
Des décisions de poursuivre pourront intervenir.
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque demande de
paiement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
financement du marché: fonds propres / emprunts / subventions.
modalités de règlement des prestations: selon les règles de la
comptabilité publique et celles prévues par le Code des Marchés Publics
et par mandat administratif.
délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception de la
facture.
comptable assignataire: M. L'Administrateur des finances publiques.
prix: révisables.
avance: sauf renoncement du titulaire à l'acte d'engagement, une
avance de 10 % sera versée dans les conditions de l'article 87 du Code
des Marchés Publics.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Solidaire.
III.1.4)Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Lettre de candidature (Dc1 mis à jour au 25/08/2014)
ou équivalent: elle devra être complétée, datée et signée.
Déclaration du candidat (Dc2 mis à jour au 15/09/10) ou équivalent,
complétée.
Pouvoirs: les documents relatifs aux pouvoirs des personnes
habilitées à engager le candidat, si le signataire n'est pas le
représentant légal.
la production de ces documents est obligatoire. A défaut, le candidat
ne pourra être admis à participer à la suite de la procédure.
Les candidats doivent également veiller à ce que les pouvoirs soient en
cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant
inférieur à l'offre qui sera proposée.
Par ailleurs, en cas de groupement solidaire d'entreprises, les
pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas être
limités à un montant inférieur à l'offre globale du groupement.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Chiffres d'affaires: déclaration concernant le chiffre
d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles et la part de chiffre d'affaires concernant les
fournitures, installation et mise en service de tour en fosse.
capacité financière minimale exigée:
Au vu de l'importance du chantier, seront éliminés les candidats ne
justifiant pas d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois (3)
dernières années, supérieur ou égal à 1,6 million d'euros.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Liste des principales fournitures: présentation d'une
liste des principales fournitures effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
Titre d'études: indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment
des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du marché.
Déclaration concernant l'outillage: déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document
considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est
objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements
demandés relatifs à sa capacité.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
de certains types de procédures négociées): non
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à confirmer lintérêt ou dans linvitation à présenter une
offre ou à négocier
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
NCA-15-0772
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions dobtention du cahier des charges et des documents
complémentaires (sauf pour un SAD)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents: 11.2.2016 - 16:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
11.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.6)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.7)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
1/ Sélection des candidatures
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions
prévues aux articles 142 et 52 du code des marchés publics en prenant
en compte les éléments demandés à l'article Présentation des
candidatures du présent règlement.
En fonction de ces critères, seront éliminés à l'issue de la phase de
d'analyse des candidatures les candidats n'ayant pas produit les
garanties, capacités et références suffisantes.
L'Entité adjudicatrice a décidé de ne pas limiter le nombre de
candidats qui seront admis à présenter une offre.
Les candidats retenus recevront une lettre de consultation avec le
dossier de consultation.
2/jugement des offres
Les critères de jugement des offres, ainsi que le déroulement de la
phase de négociation, seront définis dans la lettre de consultation que
recevront les candidats sélectionnés à l'issue de la phase de
candidatures.
3/depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre
2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour
accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que
l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des
modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE.
Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos
propres moyens les informations communiquées.
4/conditions de remise des plis:
A) par voie électronique uniquement;
B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique
électronique);
C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission
par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie
électronique. Précisions concernant la remise des plis par courrier:
Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de
réception ou remis contre récépissé. Précisions concernant la remise
des plis par voie électronique: Les formats électroniques acceptés sont
ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (Dce)
fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les
documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff
ou gif. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de
validité.
Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
électronique dans les marchés publics, tout envoi électronique devra
être signé au moyen de certificats de signature électronique conformes
au RGS (y compris pades, cades ou Xades).
Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2
étoiles. La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom
... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur
économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du
14.12.2009. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais
Impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé
comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde» à l'adresse
indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support
physique électronique du règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice 33 bd Franck Pilatte B.P. 4179 06300
Nice, tél. : (+33) 4-92-04-13-13, télécopieur: (+33) 4-93-55-78-31
Organe chargé des procédures de médiation
Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur, secrétariat général
pour les affaires régionales, place Félix Baret cS 80001, F-13282
Marseille Cedex 06. E-mail: [11]catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr.
Tél. (+33) 4 84 35 45 54. Fax (+33) 4 84 35 44 60
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Nice 33 bd Franck Pilatte B.P. 4179
06359 Nice Cedex 4, tél. : (+33) 4-92-04-13-13, courriel:
[12]greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur: (+33) 4-93-55-78-31
VI.5)Date denvoi du présent avis:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Öffentlicher Verkehr (Straße) - UK-London
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 16073-2016 (ID: 2016011609175053914)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
UK-London: Öffentlicher Verkehr (Straße)
2016/S 11/2016 16073
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
London Bus Services Limited
Area Y2, 10th Floor, Palestra, 197 Blackfriars Road
Zu Händen von: Richard Rampton
SE1 8NJ London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2030540491
E-Mail: [4]contracts.tendering@tfl.gov.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.tfl.gov.uk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60112000
Beschreibung
Öffentlicher Verkehr (Straße).
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 5 656 847 GBP
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: QC50301
Los-Nr: 503
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
London General Transport Services Ltd
18 Merton High Street
SW19 1DN London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 656 847 GBP
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
Wert ohne MwSt: 5 656 847 GBP
References
4. mailto:contracts.tendering@tfl.gov.uk?subject=TED
5. http://www.tfl.gov.uk/
OT: 16/01/2016 S11 - - Services - Contract award notice - Negotiated
procedure
United Kingdom-London: Public road transport services
2016/S 011-016073
Contract award notice utilities
Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
London Bus Services Limited
Area Y2, 10th Floor, Palestra, 197 Blackfriars Road
For the attention of: Richard Rampton
SE1 8NJ London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2030540491
E-mail: [6]contracts.tendering@tfl.gov.uk
Internet address(es):
General address of the contracting entity: [7]www.tfl.gov.uk
I.2)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
entities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Provision of Bus Service Route 155.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 2: Land transport services [2], including armoured
car services, and courier services, except transport of mail
NUTS code UKI
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Provision of Bus Service Route 155 for 5 years with a provision of a 2
year extension depending on performance. Please note costs posted on
OJEU sometimes differ from those on the internet, this is due to post
award negotiations.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
60112000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 5 656 847 GBP
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated with a call for competition
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
QC50301
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
Section V: Award of contract
V.1)Award and contract value
Contract No: QC50301
Lot No: 503 - Lot title: Provision of Bus Service Route 155
V.1.1)Date of contract award decision:
1.6.2015
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
London General Transport Services Ltd
18 Merton High Street
SW19 1DN London
UNITED KINGDOM
V.1.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 5 656 847 GBP
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases
Value excluding VAT: 5 656 847 GBP
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
London Bus Services Limited
10th Floor, Y2, Palestra, 197 Blackfriars Road
SE1 8N London
UNITED KINGDOM
E-mail: [8]richardrampton@tfl.gov.uk
Internet address: [9]www.tfl.gov.uk
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beschaffung von medizinischer Ausrüstung für das regionale Krankenhaus in Shkodra, dritte Phase, FP-1385/add4 - FR-Paris
Medizinische Geräte
Dokument Nr...: 16173-2016 (ID: 2016011609190554014)
Veröffentlicht: 16.01.2016
*
FR-Paris: Beschaffung von medizinischer Ausrüstung für das regionale Krankenhaus in Shkodra, dritte Phase, FP-1385/add4
2016/S 11/2016 16173
Invitation for Bids (IFB)
Contracting entity: Council of Europe Development Bank, 55 avenue
Kléber, 75116 Paris, France
For the Republic of Albania
1. The Government of Albania has received the Loan No FP-1385/add4,
from the Council of Europe Development Bank toward the cost of the
Third Phase of Shkodra Regional Hospital Project, and intends to apply
part of the proceeds of this loan to payments under the Supply and
Installation of Medical Equipment.
2. The Ministry of Health of the Republic of Albania now invites sealed
bids from eligible and qualified bidders for the Procurement of
Medical Equipment for Shkodra Regional Hospital, Third Phase
Lot 1. Medical equipment for the intensive care department
3. Bidding will be conducted through the International Competitive
Bidding (ICB), procedure specified in the Council of Europe Development
Bank's Guidelines November 2004, and is open to all bidders from
eligible bank source countries, as defined in the Bidding Documents.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from the
Ministry of Health and inspect the Bidding Documents at the address
given below from 9:00 to 14:30 hours, Tirana time, from Monday through
Friday.
5. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by
interested bidders on the submission of a written Application to the
address below and upon payment of a non-refundable fee of Euro 150.00.
The method of payment will be direct deposit into Credins Bank of
Albania and Account Number: 146278. The Bidding Documents will be sent
by airmail and surface/or courier mail. An additional cost for the
delivery through DHL or courier will be charged to the bidders.
The bidding documents may be collected by an authorised representative
of the bidder from the office stated below upon presentation to the
Projects Implementation Unit of Bidder's Authorisation and documents
confirming payment of the non-refundable fee to the above account.
Documents will be available from: January 21, 2016.
6. Bids must be delivered to the address* below before or at 11:00 a.m.
Tirana time on February 25, 2016, at which time the tenders will be
opened. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be
rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders'
representatives who choose to attend in person at the address below.
All bids must be accompanied by a Bank Bid Security of 10,000 Euro or
an equivalent amount in a freely convertible currency.
7. The address referred to above is:
Attention: Mr. Enik Shehu
Director of Projects Implementation Unit
Ministry of Health
Rruga Elbasanit
Pall Edil-Al-It, office 205
Tirana, ALBANIA
Tel: +355 42364781
e-mail: [1]Enik.Shehu@shendetesia.gov.al
[2]enikshehu@yahoo.com
References
1. mailto:Enik.Shehu@shendetesia.gov.al?subject=TED
2. mailto:enikshehu@yahoo.com?subject=TED
OT: 16/01/2016 S11 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
France-Paris: Procurement of Medical Equipment for Shkodra Regional
Hospital, Third Phase, FP-1385/add4
2016/S 011-016173
Invitation for Bids (IFB)
Contracting entity: Council of Europe Development Bank, 55 avenue
Kléber, 75116 Paris, France
For the Republic of Albania
1. The Government of Albania has received the Loan No FP-1385/add4,
from the Council of Europe Development Bank toward the cost of the
Third Phase of Shkodra Regional Hospital Project, and intends to apply
part of the proceeds of this loan to payments under the Supply and
Installation of Medical Equipment.
2. The Ministry of Health of the Republic of Albania now invites sealed
bids from eligible and qualified bidders for the Procurement of
Medical Equipment for Shkodra Regional Hospital, Third Phase
Lot 1. Medical equipment for the intensive care department
3. Bidding will be conducted through the International Competitive
Bidding (ICB), procedure specified in the Council of Europe Development
Bank's Guidelines November 2004, and is open to all bidders from
eligible bank source countries, as defined in the Bidding Documents.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from the
Ministry of Health and inspect the Bidding Documents at the address
given below from 9:00 to 14:30 hours, Tirana time, from Monday through
Friday.
5. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by
interested bidders on the submission of a written Application to the
address below and upon payment of a non-refundable fee of Euro 150.00.
The method of payment will be direct deposit into Credins Bank of
Albania and Account Number: 146278. The Bidding Documents will be sent
by airmail and surface/or courier mail. An additional cost for the
delivery through DHL or courier will be charged to the bidders.
The bidding documents may be collected by an authorised representative
of the bidder from the office stated below upon presentation to the
Projects Implementation Unit of Bidder's Authorisation and documents
confirming payment of the non-refundable fee to the above account.
Documents will be available from: January 21, 2016.
6. Bids must be delivered to the address* below before or at 11:00 a.m.
Tirana time on February 25, 2016, at which time the tenders will be
opened. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be
rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders'
representatives who choose to attend in person at the address below.
All bids must be accompanied by a Bank Bid Security of 10,000 Euro or
an equivalent amount in a freely convertible currency.
7. The address referred to above is:
Attention: Mr. Enik Shehu
Director of Projects Implementation Unit
Ministry of Health
Rruga Elbasanit
Pall Edil-Al-It, office 205
Tirana, ALBANIA
Tel: +355 42364781
e-mail: [1]Enik.Shehu@shendetesia.gov.al
[2]enikshehu@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen - AT-Innsbruck
Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
Medizinische Geräte
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Dokument Nr...: 16273-2016 (ID: 2016011909020354331)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
AT-Innsbruck: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
2016/S 12/2016 16273
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Tirol Kliniken GmbH
Maximilianstraße 35
Kontaktstelle(n): Bau und Technik
Zu Händen von: Dipl.-Ing. Eduard Widmoser
6020 Innsbruck
ÖSTERREICH
E-Mail: [5]bau-technik@tirol-kliniken.at
Fax: + 43 512 504 28714
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.tirol-kliniken.at
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Kapitalgesellschaft
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Gesamtprojekt (wenn anwendbar): Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau
Kinder- und Jugendpsychiatrie Haus 6.
Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 6023-33/70-2016
Auftragskurzbezeichnung (Gewerk):
Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie
Haus 6.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort: Tirol.
AT332
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Es ist geplant am Campus des LKH-Hall i.T. einen Neubau für die Kinder-
und Jugendpsychiatrie zu realisieren. In dem zu errichtenden Neubau
sollen Flächen für Bettenstationen, Ambulanzen, sowie eine Tagesklinik
samt dazu gehörigen Nebenräumen untergebracht werden.
Planungszeitraum 2014-2015, Ausführung 2016-2017.
Veranschlagte Gesamtprojektsumme ohne MwSt. (falls bekannt, in Zahlen):
19 600 000 EUR.
Veranschlagte Auftragssumme (Auftragswert) ohne MwSt. (falls bekannt,
in Zahlen): EUR.
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45215100, 30000000, 33000000, 33100000, 39000000
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.8)Zusätzliche Angaben:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tirol Kliniken GmbH,
kundgemacht im Internet ab Seite [7]http://www.tirol-kliniken.at/agb
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens werden nicht
anerkannt.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Ausschreibungsunterlagen (Allgemeiner Teil) und AGB der Tirol
Kliniken GmbH ([8]http://www.tirol-kliniken.at/agb).
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
7.1.2016
References
5. mailto:bau-technik@tirol-kliniken.at?subject=TED
6. http://www.tirol-kliniken.at/
7. http://www.tirol-kliniken.at/agb
8. http://www.tirol-kliniken.at/agb
OT: 19/01/2016 S12 - - Bauleistung - Vorabinformation ohne Aufruf zum
Wettbewerb - Entfällt
Österreich-Innsbruck: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
2016/S 012-016273
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Tirol Kliniken GmbH
Maximilianstraße 35
Kontaktstelle(n): Bau und Technik
Zu Händen von: Dipl.-Ing. Eduard Widmoser
6020 Innsbruck
ÖSTERREICH
E-Mail: [5]bau-technik@tirol-kliniken.at
Fax: + 43 512 504 28714
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.tirol-kliniken.at
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Kapitalgesellschaft
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Gesamtprojekt (wenn anwendbar): Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau
Kinder- und Jugendpsychiatrie Haus 6.
Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 6023-33/70-2016
Auftragskurzbezeichnung (Gewerk):
Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie
Haus 6.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort: Tirol.
AT332
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Es ist geplant am Campus des LKH-Hall i.T. einen Neubau für die Kinder-
und Jugendpsychiatrie zu realisieren. In dem zu errichtenden Neubau
sollen Flächen für Bettenstationen, Ambulanzen, sowie eine Tagesklinik
samt dazu gehörigen Nebenräumen untergebracht werden.
Planungszeitraum 2014-2015, Ausführung 2016-2017.
Veranschlagte Gesamtprojektsumme ohne MwSt. (falls bekannt, in Zahlen):
19 600 000 EUR.
Veranschlagte Auftragssumme (Auftragswert) ohne MwSt. (falls bekannt,
in Zahlen): EUR.
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45215100, 30000000, 33000000, 33100000, 39000000
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.8)Zusätzliche Angaben:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tirol Kliniken GmbH,
kundgemacht im Internet ab Seite [7]http://www.tirol-kliniken.at/agb
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens werden nicht
anerkannt.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Ausschreibungsunterlagen (Allgemeiner Teil) und AGB der Tirol
Kliniken GmbH ([8]http://www.tirol-kliniken.at/agb).
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sonnenschutzarbeiten - DE-Bad Oldesloe
Sonnenschutzarbeiten
Dokument Nr...: 16373-2016 (ID: 2016011909024654432)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
DE-Bad Oldesloe: Sonnenschutzarbeiten
2016/S 12/2016 16373
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Bad Oldesloe, Der Bürgermeister
Markt 5
23843 Bad Oldesloe
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 45315040
E-Mail: [6]kub-ausschreibung@badoldesloe.de
Fax: +49 4531504900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.badoldesloe.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Sunder- Plassmann Architekten
Am Hafen 3
24376 Kappeln
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 046422418
E-Mail: [8]info@sunder-plassmann.com
Fax: +49 046422419
Internet-Adresse: [9]http://www.sunder-plassmann.com
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Bauausführung für das Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe (KuB):
VE B- 180 Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Erbringung einer Bauleistung, gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß
den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Bad
Oldesloe.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Mit dem geplanten Kultur- und Bildungszentrums Bad Oldesloe (KuB) soll
eine öffentliche, multifunktionale Einrichtung für Kultur, Bildung,
Veranstaltung und Information geschaffen werden.
Das KuB soll von verschiedensten Einrichtungen, Interessenten und
Besuchern flexibel genutzt werden.
VHS, Musikschule, Klangstadt, Oldesloer Bühne, Stadtinfo, Altstadt e.
V. bieten vielschichtige Bildungs-/ Weiterbildungs- und kulturelle
Programme und Veranstaltungen an.
Die multifunktionalen Nutzungen und Angebote werden durch zusätzliche,
besondere Veranstaltungen und einer Gastronomie ergänzt.
Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe ( KuB )
werden die bestehenden Gebäude Amtsgericht und Hist. Rathaus um die
Neubau- Anbauten Eingangshalle, Multifunktionssaal und Oldesloer Bühne
auf dem Gründstück Flurstück 202, Flur 14 erweitert.
Hist. Rathaus:
Im Hist. Rathaus sind nur die notwendigen Maßnahmen durch die Anbindung
des künftigen KuB, Brandschutzmaßnahmen und die Neuerrichtung des
Wintergartens vorgesehen.
Ehem. Amtsgericht:
Das ehemalige Amtsgericht bleibt in seiner Gebäude- und
Grundrissstruktur weitestgehend erhalten. Brandschutzmaßnahmen, TGA-
Maßnahmen, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sind vorgesehen.
Eingangshalle:
Die neue Eingangshalle nutzt die Bestandsfassade des Amtsgerichtes auf
ganzer Länge als Rückwand und wird als Stahl-/ Glashalle mit
Stahltragkonstruktion errichtet.
Multifunktionssaal:
Der Multifunktionssaal wird als geschlossener Kubus in StB- Bauweise
errichtet.
Proportionen und Abmessungen orientieren sich an der Volumenkennzahl,
die Rückwand wird zur optimalen Schallreflektion geneigt ausgebildet.
Oldesloer Bühne:
Östlich des Amtsgerichtes schließt ebenfalls als ein geschlossener
Kubus in StB- Bauweise, die Oldesloer Bühne mit Probe-, Werk- und
Kinderbühne an.
TGA:
Außenanlagen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45212190
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen:
Los 1 KuB:
Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 40 Stk.;
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 6 Stk.;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 18 Stk.;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System ca. 275 m²;
Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System ca. 80 m²;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb ca. 55 m².
Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 14 Stk.;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 10 Stk.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 21.3.2016. Abschluss 19.4.2016
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: VE B- 180 Blend- und
Sonnenschutz/Vorhanganlagen: Los 1 KuB
1)Kurze Beschreibung
Los 1 KuB:
Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren;
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System;
Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45212190
3)Menge oder Umfang
Los 1 KuB:
Blend-/Sichtschutz-Plissee innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 40 Stk.;
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 6 Stk.;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 18 Stk.;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Seilzug-System ca. 275 m²;
Blendschutzvorhanganlagen, Schleuderzug-System ca. 80 m²;
Verdunkelungsvorhanganlagen, Elt.-Antrieb ca. 55 m².
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: VE B- 180 Blend- und
Sonnenschutz/Vorhanganlagen: Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus
1)Kurze Beschreibung
Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45212190
3)Menge oder Umfang
Los 2 Ausstattung Hist. Rathaus:
Blendschutz-Rollo innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 14 Stk.;
Blendschutz.Vorhang innen vor Fenstern/Fenstertüren ca. 10 Stk.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Gemäß § 16 VOB/ B sowie Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschulderische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und
Nachweise sind von den Bietern vorzulegen. Im Falle von
Bietergemeinschaften sind die Angaben, Erklärungen und Nachweise von
jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen, es sei denn es ist
nachstehend ausdrücklich etwas anderes geregelt.
1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen ( Präqualifikationsverzeichnis ) eingetragen sind, kann
anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
(nicht älter als 3 Monate):
Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft
bzw. des zuständigen Versicherungsträgers;
ein aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 1
der Gewerbeordnung;
eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen
Sozialkasse (SOKA- Bau oder anderer Sozialkassen ) des Baugewerbes über
die vollständige Entrichtung von Beiträgen;
eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung;
aktuelle Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug gemäß § 48 Abs. 1
EstG des zuständigen Finanzamtes.
Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres
Heimatlandes vorzulegen. Diesen ist eine Übersetzung in Deutsch
beizufügen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und
Nachweise sind von den Bietern vorzulegen. Im Falle von
Bietergemeinschaften sind die Angaben, Erklärungen und Nachweise von
jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen, es sei denn es ist
nachstehend ausdrücklich etwas anderes geregelt.
1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind, kann
anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
(nicht älter als 3 Monate):
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern
ausgeführten Aufträgen;
Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind;
Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach
Berufsgruppen;
dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenen Leistung zur
Verfügung stehende technische Ausrüstung;
das für die Leistung und Aufsicht vorgesehene technische Personal;
Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes;
andere, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete
Nachweise.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Die nachstehenden Angaben, Erklärungen und Nachweise sind von den
Bietern vorzulegen. Im Falle von Bietergemeinschaften sind die Angaben,
Erklärungen und Nachweise von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft
vorzulegen, es sei denn es ist nachstehend ausdrücklich etwas anderes
geregelt.
1. Bietergemeinschaften haben eine Bietergemeinschaftserklärung
abzugeben, aus der sich die Firmen aller Mitglieder der
Bietergemeinschaft, die Absicht ihres Zusammenschlusses zu einer
gesamtschuldnerisch haftenden Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall sowie
ein bevollmächtigtes Mitglied der Bietergemeinschaft ergeben.
2. Für Bieter und Mitglieder von Bietergemeinschaften, Nachunternehmer,
die in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind, kann
anstelle der nachfolgenden Unterlagen die Nummer angegeben werden,
unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen sind. Dies
gilt nicht für Unterlagen, die nicht in dem
Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind.
3. Es sind Angaben und Erklärungen mit dem Angebot durch Angabe der PQ-
Nummer/ Nummern bzw. bei nicht präqualifizierten Unternehmen durch
Angaben im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzunehmen und
entsprechende Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
(nicht älter als 3 Monate):
Eignung anhand von 3 vergleichbaren Bauwerken/ Projekten, die er in
den letzten 3 Jahren hergestellt hat.
Die Vergleichbarkeit der Bauwerke/ Projekte bemisst sich nach Art und
Größe; weiterhin ist der Anteil der Eigenleistung des Bieters im Rahmen
dieser vergleichbaren Bauwerke/ Projekte relevant.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
28110: B- 180, VE B- 180 Blend- und Sonnenschutz/Vorhanganlagen
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2013/S 195-335593 vom 8.10.2013
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 35 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung:
Empfänger: Gregor Sunder- Plassmann;
Konto Nr.: 62738609;
BLZ: 200 300 00;
IBAN: DE78200300000062738609;
BIC: HYVEDEMM300;
Verwendungszweck: KuB: 28110: B- 180, VE B- 180 Blend- und
Sonnenschutz/Vorhanganlagen.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
17.2.2016 - 10:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 20.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17.2.2016 - 10:30
Ort:
Stadt Bad Oldesloe, Der Bürgermeister, Markt 5, 23843 Bad Oldesloe.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
und deren Bevollmächtigte, nur mit entsprechender Vollmacht und
Ausweispflicht.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Das rechtsverbindlich unterschriebene Angebot ist mit den unter Ziffer
III.2) aufgeführten Angaben und Erklärungen und mit einer
Verpflichtungserklärung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz
Schleswig- Holstein- TTG auf den den Vergabeunterlagen beigefügten
Formblättern in einem verschlossenen und gekennzeichneten Umschlag bis
zum Ende der Angebotsfrist (vgl. Ziffer IV.3.4)) einzusenden oder
abzugeben.
Zusätzlich ist gemäß Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig- Holstein-
TTG eine Angebotskopie, einschl. eventueller Nebenangebote in einem
gesonderten, verschlossenen Umschlag dem Angebot beizulegen. Liegt
diese Zweitausfertigung in einem gesonderten, geschlossenen und
beschrifteten Umschlag den Angebotsunterlagen nicht bei, muss das
Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.
(Siehe auch Hinweisblatt in den Vergabeunterlagen Wichtige Hinweise
zur Angebotsabgabe!).
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabeprüfstelle beim Innenministerium des Landes Schleswig- Holstein,
IV 66
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel
DEUTSCHLAND
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus
§ 107 Abs. 3 GWB. Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Post- Eingang
bzw. 10 Kalendertage nach Telefax- Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, ist
ein Nachprüfungsantrag unzulässig. Für die Einlegung von Rechtsbehelfen
gelten u. a. die folgenden Regelungen des Gesetztes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB):
§ 101a Informations- und Wartepflicht,
§ 101b Unwirksamkeit,
§ 107 Einleitung, Antrag.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabeprüfstelle beim Innenministerium des Landes Schleswig- Holstein,
IV 66
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel
DEUTSCHLAND
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.1.2016
References
6. mailto:kub-ausschreibung@badoldesloe.de?subject=TED
7. http://www.badoldesloe.de/
8. mailto:info@sunder-plassmann.com?subject=TED
9. http://www.sunder-plassmann.com/
10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335593-2013:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen - DE-Leipzig
Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
Dokument Nr...: 16473-2016 (ID: 2016011909032554531)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
DE-Leipzig: Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
2016/S 12/2016 16473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement
04092
Zu Händen von: Röhniß, Gerd
Leipzig
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 341123-7333
E-Mail: [6]gerd.roehniss@leipzig.de
Fax: +49 341123-7341
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.leipzig.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. BA, Los 403
Starkstrominstallationsarbeiten.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
04249 Leipzig.
NUTS-Code DED31
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Feuerwehrzentrum Leipzig, 2. BA, Gerhard-Ellrodt-Straße 29 c, d,
Leipzig, Los 403 Starkstrominstallationsarbeiten Abstellhalle Teil 2.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45232200
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Preis. Gewichtung 100
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
B15-6533-06-0678
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2015/S 184-333322 vom 23.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 4522032306 Los-Nr: 403 - Bezeichnung:
Starkstrominstallationsarbeiten Abstellhalle Teil 2
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
14.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lutz Löffler
Chemnitzer Str. 42
04643 Geithain
DEUTSCHLAND
E-Mail: [9]lutz.loeffler@elektrohaus-loeffler.de
Telefon: +49 34341-42879
Fax: +49 34341-42854
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der LAndesdirektion
Sachsen
Braustraße 2
04107 Leipzig
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]Vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341-977-1049
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Um
eine Korrektur eines Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein
Nachprüfungsantrag bei der unter VI.4.1) genannten Stelle gestellt
werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch
nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt
werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den
beabsichtigten Zuschlag informiert hat und die gem. § 101a GWB
vorgeschriebene Informationsfrist vergangen ist. Vor der Antragstellung
muss der Bieter in aller Regel den Vergaberechtsverstoß unverzüglich
gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d.h. ohne schuldhaftes Zögern
(i.d.R. 3 Tage, höchstens innerhalb von einer Woche nach Kenntnis des
Verstoßes) bzw. bei einem Vergaberechtsverstoß, der auf Grund der
Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Angebotsfrist. Bei
Nichtabhelfen der Rüge durch die Vergabestelle wird auf die Frist nach
§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB verwiesen.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Straße 16
50113 Bonn
DEUTSCHLAND
E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 288-9499-0
Internet-Adresse: [12]www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 288-9499-400
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15.1.2016
References
6. mailto:gerd.roehniss@leipzig.de?subject=TED
7. http://www.leipzig.de/
8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333322-2015:TEXT:DE:HTML
9. mailto:lutz.loeffler@elektrohaus-loeffler.de?subject=TED
10. mailto:Vergabekammer@lds.sachsen.de?subject=TED
11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Hubschrauber - HU-Budaörs
Hubschrauber
Reparatur und Wartung von Hubschraubern
Dokument Nr...: 16573-2016 (ID: 2016011909042154632)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
HU-Budaörs: Hubschrauber
2016/S 12/2016 16573
Magyar Légiment Nonprofit Kft., AK20008, Légiment u. 8., Zu Händen
von: Korolovszky Júlia, Budaörs 2040, UNGARN. Telefon: +36 23804810.
Fax: +36 23804811. E-Mail: legititkarsag@airambulance.hu
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.10.2015, [1]2015/S
212-385014)
Betr.:
CPV:34711500, 50212000
Hubschrauber
Reparatur und Wartung von Hubschraubern
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
Der Auftrag wird möglicherweise Gegenstand einer neuen Veröffentlichung
sein
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385014-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 19/01/2016 S12 - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt
eljárás
Magyarország-Budaörs: Helikopterek
2016/S 012-016573
Magyar Légiment Nonprofit Kft., AK20008, Légiment u. 8., Címzett:
Korolovszky Júlia, Budaörs 2040, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 23804810.
Fax: +36 23804811. E-mail: legititkarsag@airambulance.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, [1]2015/S
212-385014)
Tárgy:
CPV:34711500, 50212000
Helikopterek
Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások
Befejezetlen eljárás
A közbeszerzési eljárást megszüntették
Lehetséges, hogy a szerzdést ismételten közzéteszik
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dermatika - CY-Nikosia
Dermatika
Dokument Nr...: 16673-2016 (ID: 2016011909052754736)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
CY-Nikosia: Dermatika
2016/S 12/2016 16673
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Farmakeytikes Ypiresies
Polyfimoy 15, Biomich. Periochi Stroboloy
Kontaktstelle(n): Farmakeytikes Ypiresies Tomeas Prosforon
Zu Händen von: Maria Odysseos
2033 Leykosia
ZYPERN
Telefon: +357 22608745
Fax: +357 22446414
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.moh.gov.cy/phs
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.eprocurement.gov.cy
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://www.eprocurement.gov.cy
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]http://www.eprocurement.gov.cy
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: ,
1 17
Kontaktstelle(n): . 2
Zu Händen von:
1514
ZYPERN
Telefon: +357 22605430
Fax: +357 22772282
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33631000
Beschreibung
Dermatika.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 09:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Griechisch.
References
4. http://www.moh.gov.cy/phs
5. http://www.eprocurement.gov.cy/
6. http://www.eprocurement.gov.cy/
7. http://www.eprocurement.gov.cy/
OT: 19/01/2016 S12 - - - -
-:
2016/S 012-016673
2004/18/
I:
I.1),
15, .
() :
:
2033
: +357 22608745
: [6]modysseos@phs.moh.gov.cy
: +357 22446414
(-) :
: [7]www.moh.gov.cy/phs
: [8]http://www.eprocurement.gov.cy
: [9]http://www.eprocurement.gov.cy
:
[10]http://www.eprocurement.gov.cy
: ()
(-) (-)
(
) : () (-) (-)
: ,
1 17
() : . 2
:
1514
: +357 22605430
: +357 22772282
I.2)
,
I.3)
I.4)
:
II:
II.1)
II.1.1) :
205/2015.
II.1.2) ,
, :
.
NUTS CY000
II.1.3) ,
()
II.1.4)
II.1.5)
.
II.1.6) (CPV)
33631000
II.1.7) (GPA)
(Government Procurement Agreement GPA):
II.1.8)
:
II.1.9)
:
II.2)
II.2.1) :
: 264 680 EUR
II.2.2)
:
:
30 %.
:
: 24 ( )
II.2.3)
II.3)
: 24 ( )
: 1 : 1
1)
2) (CPV)
33631000
3)
: 7 200 EUR
4)
/
5)
.
: 2 : 2
1)
2) (CPV)
33631000
3)
: 27 600 EUR
4)
/
5)
.
: 3 : 3
1)
2) (CPV)
33631000
3)
: 52 800 EUR
4)
/
5)
.
: 4 : 4
1)
2) (CPV)
33631000
3)
: 80 000 EUR
4)
/
5)
.
: 5 : 5
1)
2) (CPV)
33631000
3)
: 36 000 EUR
4)
/
5)
.
III: , ,
III.1)
III.1.1) :
,
,
.
,
10 %
.
III.1.2) /
:
.
III.1.3)
:
/ .
III.1.4)
:
III.2)
III.2.1) ,
: 51
,
2006 (.12()/2006).
III.2.2)
III.2.3)
III.2.4)
III.3)
III.3.1)
III.3.2)
IV:
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1)
:
..13.25.02.04.89
IV.3.2)
IV.3.3)
:
IV.3.4)
3.3.2016 - 09:00
IV.3.5)
IV.3.6)(-) () (-)
.
IV.3.7)
: 5 (
)
IV.3.8)
: 3.3.2016
:
.
:
: .
VI:
VI.1)
:
VI.2)
/
:
VI.3)
[11]www.eprocurement.gov.cy
24
,
().
VI.4)
VI.4.1)
81-83, 2 .. 24820
1304
: [12]tra@aap.gov.cy
: +357 22445100
: [13]http://www.tra.gov.cy
: +357 22445107
VI.4.2)
( )
: 1. ,
,
,
2010 (.104()/2010).
2. ,
.
[14]www.tra.gov.cy
3. ,
,
2010 (.104()/2010).
VI.4.3)
81-83, 2 .. 24820
1304
: [15]tra@aap.gov.cy
: +357 22445100
: [16]http://www.tra.gov.cy
: +357 22445107
VI.5) :
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vergabe einer öffentlichen Dienstleistung betreffend das gebührenpflichtige Parken auf Straßen in der Stadt Metz - FR-Metz
Stechuhren
Dienstleistungen zur Durchsetzung von Parkvorschriften
Dienstleistungen von Parkplätzen/-häusern
Dokument Nr...: 1673-2016 (ID: 2016010509070439001)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
FR-Metz: Vergabe einer öffentlichen Dienstleistung betreffend das gebührenpflichtige Parken auf Straßen in der Stadt Metz
2016/S 2/2016 1673
Département de publication: 57
Convention de délégation de service public
Section I: Autorité délégante et adresse
I.1)Nom et adresse:
Mairie de Metz, 1, place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention de
Commande publique, 57036 Metz Cedex 1, FRANCE. Tél: 0387555963. E-mail:
marchesadmin@mairie-metz.fr Fax: 0387555937.
Adresse(s) internet: adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL):
[1]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet: adresse générale du profil d'acheteur (URL):
[2]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues:
Point(s) de contact susmentionné(s).
I.2)Nature de l'autorité délégante:
Commune.
Section II: Objet de la délégation de service public
II.1)Intitulé de la délégation de service public:
Délégation du service public du stationnement payant sur voirie de la
ville de Metz.
II.2)Texte en application duquel la convention est conclue:
Articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales.
II.3)Objet de la délégation:
Gestion du stationnement payant sur voirie de la ville, environ 3 000
places, comprenant notamment l'entretien et le renouvellement des
horodateurs, la fourniture-pose de nouveaux si nécessaire, la maison du
stationnement, la signalisation statique, la collecte des recettes,
l'adaptation aux évolutions du stationnement payant dans la ville, la
commercialisation des macarons résidents et des produits tarifaires,
les services complémentaires liés à la dépénalisation éventuelle
(contrôle du stationnement payant, gestion des forfaits de
post-paiement et des recours administratifs préalables), etc.
Domaine de la délégation: autre: stationnement.
Autres précisions: le début de la délégation pourra être repoussé de 3
mois au 1.1.2017 par délibération du conseil municipal. La durée
finalement retenue, de l'ordre de 7 ans, tiendra compte des
investissements réalisés et de l'équilibre économique de la future
convention.
Domaine de la délégation: autre: stationnement.
Durée de la délégation: 7 ans et 3 mois.
Autres précisions: la convention prendra effet le 1.10.2016.
Lieu principal d'exécution de la délégation: commune de Metz, 57000
Metz.
Code NUTS: FR.
II.4)Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet
de la convention:
Si notamment son équilibre financier le permet, la DSP pourra intégrer
la fourniture - pose - entretien d'abris à vélos sécurisés et de bornes
de recharge électrique, l'installation de capteurs à la place et la
mise en uvre des systèmes LAPI (lecture automatisée de plaques
d'immatriculation).
II.5)Classification CPV:
38720000, 98351110, 98351100.
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
III.2)Capacité économique et financière:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
III.3)Capacité technique et professionnelle:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
Section IV: Procédure
IV.1)Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante:
DSP15-0001.
IV.2)Modalités de présentation des candidatures:
Voir ci-après.
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées:
Mairie de Metz, 1 place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention du
service commande publique, 57036 Metz Cedex 01, FRANCE. Tél.
0387555963. E-mail: [3]marchesadmin@mairie-metz.fr Fax 0387555937.
IV.3)Condition de délai:
Date limite de réception des candidatures: 7.3.2016 (12:00).
IV.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation:
Français.
IV.5)Critères de sélection des offres:
Décrits dans le document remis aux candidats retenus.
Section V: Renseignements complémentaires
V.1)La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne:
Non.
V.2)Autres informations:
Conditions de participation
Liste des documents à fournir:
1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
- une lettre de candidature développant les motivations du candidat et
les conditions générales dans lesquelles il entend mener à bien
l'activité déléguée, accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à
engager le candidat et, en cas de groupement d'opérateurs économiques,
du pouvoir donné au mandataire par les cotraitants pour la présentation
du dossier de candidature,
- une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que:
* le candidat ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir
à la présente consultation ou d'une interdiction équivalente dans un
autre pays,
* le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de redressement
judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité. Le cas échéant,
la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
* le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n^o 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5,
L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du travail (dans les conditions
prévues par l'article 9 du décret n^o 97-638 du 31.5.1997),
* le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L.5212-5 du
Code du travail ou qu'il a versé la contribution visée à l'article
L.5212-9 de ce même code pour les personnes assujetties (article
L.5212-1 du Code du travail) à l'obligation définie aux articles
L.5212-2, L.5212-3, L.5212-4 du Code du travail (obligation d'employer
des travailleurs handicapés ou en difficulté),
* les prestations seront réalisées par des salariés employés
régulièrement au regard de la législation applicable.
Les candidats pourront, le cas échéant, s'inspirer du contenu ou
utiliser les modèles de formulaires utilisés en matière de passation
des marchés publics (DC 1, DC 2, et autres) téléchargeables sur le site
du ministère de l'économie
[4]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
2. Capacité économique et financière: renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles
faisant l'objet de la délégation de service public, réalisé au cours
des 3 derniers exercices clos disponibles,
- bilans et comptes de résultat pour les 3 derniers exercices clos
disponibles ou tout autre document reprenant les mêmes données
concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine
d'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
- extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés
(modèle Kbis) ou équivalent étranger,
- attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle
pour l'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
- montant et composition du capital social, liste des principaux
actionnaires (détenant plus de 10 % du capital).
3. Capacité technique: renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies: mémoire présentant:
- le candidat (organisation, moyens humains et matériels),
- le savoir-faire du candidat dans le domaine d'activité faisant
l'objet de la délégation de service public,
- les références pertinentes et détaillées du candidat au cours des 3
dernières années en rapport avec l'objet de la délégation de service
public ou tout autre document démontrant son aptitude à assurer
l'exécution du service public en cause,
- le cas échéant, tout document complémentaire de présentation, à la
diligence du candidat.
4. Conditions de participation:
- le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les
autorités compétentes justifiant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales, parafiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8
du décret n^o 97-638 du 31.5.1997 et de l'arrêté du 31.1.2003 pris pour
son application). En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations
sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas
prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une
déclaration sur l'honneur datée et signée. Le candidat établi dans un
État membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays
d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels
il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur
l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un
pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne
donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par
les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative
de ce pays. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent
faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française,
- le candidat qui, pour une raison justifiée (structure en cours de
constitution ou nouvellement créée, candidat étranger, etc.), ne serait
pas en mesure de fournir les justifications requises ci-dessus est
admis à présenter tout document équivalent à ceux dont la production
est demandée et à prouver ses capacités économiques, financières et
techniques par tout moyen approprié,
- afin de permettre l'appréciation de ses garanties professionnelles et
financières et de son aptitude à assurer l'égalité des usagers devant
le service public et la continuité du service public, le candidat peut
demander que soient également prises en considération les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus.
Dans ce cas, le candidat devra justifier des capacités de ces
opérateurs économiques en fournissant les mêmes documents que ceux dont
la production lui est demandée par l'autorité délégante. En cas de
groupement d'opérateurs économiques, l'un d'eux, désigné mandataire,
sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un opérateur
économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque
membre devra fournir l'ensemble des pièces requises par l'autorité
délégante. En outre, devront être précisés l'identité, le rôle et, eu
égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement
dans le cadre du projet. Le groupement attributaire devra
obligatoirement revêtir la forme d'un groupement solidaire.
5. Modalités de présentation des candidatures: les dossiers de
candidature doivent être transmis avant la date limite indiquée
ci-dessus sous enveloppe fermée:
- soit par remise directe contre récépissé à l'adresse indiquée
ci-dessus et aux horaires suivants: de 8:15 à 12:15 et de 14:15 à 17:00
(le vendredi uniquement jusqu'à 16:30), soit par pli recommandé avec
avis de réception, à l'adresse suivante: Mairie de Metz, service
commande publique, 1 place d'Armes, BP 21025, 57036 Metz Cedex 01,
FRANCE. L'enveloppe portera la mention «Délégation du service public du
stationnement payant sur voirie de la ville de Metz - candidature - ne
pas ouvrir avant la séance». Le nom du candidat ne figurera pas sur
l'enveloppe. La candidature comportera les pièces visées ci-dessus
ainsi qu'une copie du dossier de candidature au format CD-ROM ou clé
USB. La transmission des dossiers de candidature par voie électronique
n'est pas autorisée.
6. Critères de sélection des candidatures (article L.1411-1, alinéa 3,
du Code général des collectivités territoriales), sans pondération ni
ordre d'importance hiérarchique:
- garanties professionnelles et financières,
- aptitude à assurer l'égalité des usagers devant le service public et
la continuité du service public,
- respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail.
7. Informations sur le déroulement de la procédure: le présent appel à
candidatures a pour but de dresser la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leur dossier de candidature. Un
document de référence pour l'élaboration des offres, désigné «dossier
de consultation», sera gratuitement remis aux candidats retenus. En
application de l'article L.1411-1, alinéa 5, du Code général des
collectivités territoriales, les offres présentées seront librement
négociées par le représentant de l'autorité délégante avant qu'il ne
procède au choix du délégataire.
8. Informations complémentaires: des informations complémentaires
peuvent être demandées par écrit (télécopie ou courriel) aux
coordonnées figurant ci-dessus.
V.3)Procédures de recours
V.3.1)Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000
Strasbourg, FRANCE. Tél. 0388212323. E-mail:
[5]greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Fax 0388364466.
V.4)Date d'envoi du présent avis:
24.12.2015.
References
1. http://mairie-metz.e-marchespublics.com/
2. http://mairie-metz.e-marchespublics.com/
3. mailto:marchesadmin@mairie-metz.fr?subject=TED
4. http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
5. mailto:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr?subject=TED
OT: 05/01/2016 S2 - - Services - Avis de marché - Non spécifié
France-Metz: Délégation du service public du stationnement payant sur
voirie de la ville de Metz
2016/S 002-001673
Département de publication: 57
Convention de délégation de service public
Section I: Autorité délégante et adresse
I.1)Nom et adresse:
Mairie de Metz, 1, place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention de
Commande publique, 57036 Metz Cedex 1, FRANCE. Tél: 0387555963. E-mail:
marchesadmin@mairie-metz.fr Fax: 0387555937.
Adresse(s) internet: adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL):
[1]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet: adresse générale du profil d'acheteur (URL):
[2]http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues:
Point(s) de contact susmentionné(s).
I.2)Nature de l'autorité délégante:
Commune.
Section II: Objet de la délégation de service public
II.1)Intitulé de la délégation de service public:
Délégation du service public du stationnement payant sur voirie de la
ville de Metz.
II.2)Texte en application duquel la convention est conclue:
Articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales.
II.3)Objet de la délégation:
Gestion du stationnement payant sur voirie de la ville, environ 3 000
places, comprenant notamment l'entretien et le renouvellement des
horodateurs, la fourniture-pose de nouveaux si nécessaire, la maison du
stationnement, la signalisation statique, la collecte des recettes,
l'adaptation aux évolutions du stationnement payant dans la ville, la
commercialisation des macarons résidents et des produits tarifaires,
les services complémentaires liés à la dépénalisation éventuelle
(contrôle du stationnement payant, gestion des forfaits de
post-paiement et des recours administratifs préalables), etc.
Domaine de la délégation: autre: stationnement.
Autres précisions: le début de la délégation pourra être repoussé de 3
mois au 1.1.2017 par délibération du conseil municipal. La durée
finalement retenue, de l'ordre de 7 ans, tiendra compte des
investissements réalisés et de l'équilibre économique de la future
convention.
Domaine de la délégation: autre: stationnement.
Durée de la délégation: 7 ans et 3 mois.
Autres précisions: la convention prendra effet le 1.10.2016.
Lieu principal d'exécution de la délégation: commune de Metz, 57000
Metz.
Code NUTS: FR.
II.4)Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet
de la convention:
Si notamment son équilibre financier le permet, la DSP pourra intégrer
la fourniture - pose - entretien d'abris à vélos sécurisés et de bornes
de recharge électrique, l'installation de capteurs à la place et la
mise en uvre des systèmes LAPI (lecture automatisée de plaques
d'immatriculation).
II.5)Classification CPV:
38720000, 98351110, 98351100.
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
III.2)Capacité économique et financière:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
III.3)Capacité technique et professionnelle:
La liste des documents à joindre est décrite ci-dessous.
Section IV: Procédure
IV.1)Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité délégante:
DSP15-0001.
IV.2)Modalités de présentation des candidatures:
Voir ci-après.
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées:
Mairie de Metz, 1 place d'Armes, BP 21025, contact: à l'attention du
service commande publique, 57036 Metz Cedex 01, FRANCE. Tél.
0387555963. E-mail: [3]marchesadmin@mairie-metz.fr Fax 0387555937.
IV.3)Condition de délai:
Date limite de réception des candidatures: 7.3.2016 (12:00).
IV.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation:
Français.
IV.5)Critères de sélection des offres:
Décrits dans le document remis aux candidats retenus.
Section V: Renseignements complémentaires
V.1)La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne:
Non.
V.2)Autres informations:
Conditions de participation
Liste des documents à fournir:
1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession:
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
- une lettre de candidature développant les motivations du candidat et
les conditions générales dans lesquelles il entend mener à bien
l'activité déléguée, accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à
engager le candidat et, en cas de groupement d'opérateurs économiques,
du pouvoir donné au mandataire par les cotraitants pour la présentation
du dossier de candidature,
- une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que:
* le candidat ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir
à la présente consultation ou d'une interdiction équivalente dans un
autre pays,
* le candidat n'est pas en situation de liquidation ou de redressement
judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité. Le cas échéant,
la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
* le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n^o 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5,
L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du travail (dans les conditions
prévues par l'article 9 du décret n^o 97-638 du 31.5.1997),
* le candidat a souscrit à la déclaration visée à l'article L.5212-5 du
Code du travail ou qu'il a versé la contribution visée à l'article
L.5212-9 de ce même code pour les personnes assujetties (article
L.5212-1 du Code du travail) à l'obligation définie aux articles
L.5212-2, L.5212-3, L.5212-4 du Code du travail (obligation d'employer
des travailleurs handicapés ou en difficulté),
* les prestations seront réalisées par des salariés employés
régulièrement au regard de la législation applicable.
Les candidats pourront, le cas échéant, s'inspirer du contenu ou
utiliser les modèles de formulaires utilisés en matière de passation
des marchés publics (DC 1, DC 2, et autres) téléchargeables sur le site
du ministère de l'économie
[4]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
2. Capacité économique et financière: renseignements et formalités
nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- chiffre d'affaires concernant des prestations similaires à celles
faisant l'objet de la délégation de service public, réalisé au cours
des 3 derniers exercices clos disponibles,
- bilans et comptes de résultat pour les 3 derniers exercices clos
disponibles ou tout autre document reprenant les mêmes données
concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine
d'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
- extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés
(modèle Kbis) ou équivalent étranger,
- attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle
pour l'activité faisant l'objet de la délégation de service public,
- montant et composition du capital social, liste des principaux
actionnaires (détenant plus de 10 % du capital).
3. Capacité technique: renseignements et formalités nécessaires pour
évaluer si ces exigences sont remplies: mémoire présentant:
- le candidat (organisation, moyens humains et matériels),
- le savoir-faire du candidat dans le domaine d'activité faisant
l'objet de la délégation de service public,
- les références pertinentes et détaillées du candidat au cours des 3
dernières années en rapport avec l'objet de la délégation de service
public ou tout autre document démontrant son aptitude à assurer
l'exécution du service public en cause,
- le cas échéant, tout document complémentaire de présentation, à la
diligence du candidat.
4. Conditions de participation:
- le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les
autorités compétentes justifiant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales, parafiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8
du décret n^o 97-638 du 31.5.1997 et de l'arrêté du 31.1.2003 pris pour
son application). En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations
sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas
prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une
déclaration sur l'honneur datée et signée. Le candidat établi dans un
État membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays
d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels
il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur
l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un
pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne
donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par
les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration
sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative
de ce pays. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent
faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française,
- le candidat qui, pour une raison justifiée (structure en cours de
constitution ou nouvellement créée, candidat étranger, etc.), ne serait
pas en mesure de fournir les justifications requises ci-dessus est
admis à présenter tout document équivalent à ceux dont la production
est demandée et à prouver ses capacités économiques, financières et
techniques par tout moyen approprié,
- afin de permettre l'appréciation de ses garanties professionnelles et
financières et de son aptitude à assurer l'égalité des usagers devant
le service public et la continuité du service public, le candidat peut
demander que soient également prises en considération les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus.
Dans ce cas, le candidat devra justifier des capacités de ces
opérateurs économiques en fournissant les mêmes documents que ceux dont
la production lui est demandée par l'autorité délégante. En cas de
groupement d'opérateurs économiques, l'un d'eux, désigné mandataire,
sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un opérateur
économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque
membre devra fournir l'ensemble des pièces requises par l'autorité
délégante. En outre, devront être précisés l'identité, le rôle et, eu
égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement
dans le cadre du projet. Le groupement attributaire devra
obligatoirement revêtir la forme d'un groupement solidaire.
5. Modalités de présentation des candidatures: les dossiers de
candidature doivent être transmis avant la date limite indiquée
ci-dessus sous enveloppe fermée:
- soit par remise directe contre récépissé à l'adresse indiquée
ci-dessus et aux horaires suivants: de 8:15 à 12:15 et de 14:15 à 17:00
(le vendredi uniquement jusqu'à 16:30), soit par pli recommandé avec
avis de réception, à l'adresse suivante: Mairie de Metz, service
commande publique, 1 place d'Armes, BP 21025, 57036 Metz Cedex 01,
FRANCE. L'enveloppe portera la mention «Délégation du service public du
stationnement payant sur voirie de la ville de Metz - candidature - ne
pas ouvrir avant la séance». Le nom du candidat ne figurera pas sur
l'enveloppe. La candidature comportera les pièces visées ci-dessus
ainsi qu'une copie du dossier de candidature au format CD-ROM ou clé
USB. La transmission des dossiers de candidature par voie électronique
n'est pas autorisée.
6. Critères de sélection des candidatures (article L.1411-1, alinéa 3,
du Code général des collectivités territoriales), sans pondération ni
ordre d'importance hiérarchique:
- garanties professionnelles et financières,
- aptitude à assurer l'égalité des usagers devant le service public et
la continuité du service public,
- respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail.
7. Informations sur le déroulement de la procédure: le présent appel à
candidatures a pour but de dresser la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leur dossier de candidature. Un
document de référence pour l'élaboration des offres, désigné «dossier
de consultation», sera gratuitement remis aux candidats retenus. En
application de l'article L.1411-1, alinéa 5, du Code général des
collectivités territoriales, les offres présentées seront librement
négociées par le représentant de l'autorité délégante avant qu'il ne
procède au choix du délégataire.
8. Informations complémentaires: des informations complémentaires
peuvent être demandées par écrit (télécopie ou courriel) aux
coordonnées figurant ci-dessus.
V.3)Procédures de recours
V.3.1)Instance chargée des procédures de recours:
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67000
Strasbourg, FRANCE. Tél. 0388212323. E-mail:
[5]greffe.ta-strasbourg@juradm.fr Fax 0388364466.
V.4)Date d'envoi du présent avis:
24.12.2015.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - FR-Raismes
Elektrizität
Bedarf für die Stromversorgung
Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Dokument Nr...: 16773-2016 (ID: 2016011909070954871)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
FR-Raismes: Elektrizität
2016/S 12/2016 16773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Raismes
Grand Place
Kontaktstelle(n): Service achats-marchés publics
Zu Händen von: Mme Descamps
59590 Raismes
FRANKREICH
Telefon: +33 327149414
E-Mail: [4]achat@ville-raismes.fr
Fax: +33 327142249
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.achatpublic.com
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.achatpublic.com
Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]http://www.achatpublic.com
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://www.achatpublic.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000, 31682000, 65300000
Beschreibung
Elektrizität.
Bedarf für die Stromversorgung.
Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: ELECT
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
EDF Électricité de France Direction collectivités territoriales Nord
Ouest
Atria 58 boulevard Carnot
62001 Arras Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 56 555,19 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 3
References
4. mailto:achat@ville-raismes.fr?subject=TED
5. http://www.achatpublic.com/
6. http://www.achatpublic.com/
7. http://www.achatpublic.com/
8. http://www.achatpublic.com/
OT: 19/01/2016 S12 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Raismes: Électricité
2016/S 012-016773
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Raismes
Grand Place
Point(s) de contact: Service achats-marchés publics
À l'attention de: Mme Descamps
59590 Raismes
FRANCE
Téléphone: +33 327149414
E-mail: [6]achat@ville-raismes.fr
Fax: +33 327142249
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.achatpublic.com
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.achatpublic.com
Accès électronique à l'information: [9]http://www.achatpublic.com
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]http://www.achatpublic.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
CCAS de Raismes
Grand Place
59590 Raismes
FRANCE
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance
supérieure à 36 kVA et prestations associées.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Divers bâtiments sur territoire communal,
59590 Raismes.
Code NUTS FR301
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance
supérieure à 36 kVA et prestations de services associées.
9 points de livraisons concernés.
Groupement de commandes Ville/CCAS.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000, 31682000, 65300000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
ELECT
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 197-356785 du 10.10.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ELECT Intitulé: Fourniture et acheminement d'électricité
pour les sites de puissance supérieure à 36 kVA et prestations de
services associées9 points de livraisons concernésgroupement de
commandes Ville / CCAS -------Le montant de l'offre ci-dessous
s'apprécie sur une consommation annuelle de référence pour 9 PDL
estimée à 1210 MH -----
V.1)Date d'attribution du marché:
1.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
EDF Électricité de France Direction collectivités territoriales Nord
Ouest
Atria 58 boulevard Carnot
62001 Arras Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 56 555,19 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 3
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-153144, mise en ligne le 8.10.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erdgas - PL-Rybnik
Erdgas
Transport in Rohrfernleitungen
Dokument Nr...: 16873-2016 (ID: 2016011909082854975)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
PL-Rybnik: Erdgas
2016/S 12/2016 16873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Energia Optimum Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
Zu Händen von: Leszek Rojczyk
44-207 Rybnik
POLEN
Telefon: +48 601066162
E-Mail: [4]biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.eopt.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09123000, 60300000
Beschreibung
Erdgas.
Transport in Rohrfernleitungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 3 293 689,42 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 9
80-890 Gdask
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 978 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 293 689,42 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:biuro@eopt.pl?subject=TED
5. http://www.eopt.pl/
OT: 19/01/2016 S12 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Rybnik: Gaz ziemny
2016/S 012-016873
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Energia Optimum Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95
Osoba do kontaktów: Leszek Rojczyk
44-207 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 601066162
E-mail: [6]biuro@eopt.pl
Faks: +48 324246341
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.eopt.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: tak
Gmina Miedna Urzd Gminy
Wiejska 131
43-227 Miedna
POLSKA
Gminny Orodek Kultury w Miednej z/s w Woli
Pszczyska 110
43-225 Wola
POLSKA
Gmina Goczakowice-Zdrój
Szkolna 13
43-230 Goczakowice-Zdrój
POLSKA
Gminny Orodek Kultury w Goczakowicach-Zdroju
Uzdrowiskowa 61
43-230 Goczakowice-Zdrój
POLSKA
Powiat Pszczyski
3 Maja 10
43-200 Pszczyna
POLSKA
Komenda Powiatowa Stray Poarnej w Pszczynie
Górnolska 7
43-200 Pszczyna
POLSKA
Gmina Kobiór
Kobiórska 5
43-210 Kobiór
POLSKA
Gminny Dom Kultury
Centralna 16
43-210 Kobiór
POLSKA
Gmina Zebrzydowice
Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
POLSKA
Gminny Orodek Kultury w Zebrzydowicach
ks. Antoniego Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa sprzeda paliwa gazowego dla grupy zakupowej Powiatu
Pszczyskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL225,PL22C
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksow sprzeda gazu ziemnego
wysokometanowego o symbolu E o cznym szacunkowym wolumenie 18 730 670
kWh w okresie dostaw, tj. od 1.10.2015 do 31.12.2016, do podmiotów
wymienionych w zaczniku A do SIWZ. Rozpoczcie dostaw nastpi nie
wczeniej ni po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowizujcych umów
kompleksowych na sprzeda paliwa gazowego z obecnym Sprzedawc.
Wykonawca dokona wszelkich czynnoci i uzgodnie z OSD (Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego) niezbdnych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy i skutecznego rozpoczcia sprzeday paliwa gazowego, w tym w
szczególnoci: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych,
zgaszania do OSD nowych umów sprzeday paliwa gazowego. Czynnoci te
Wykonawca wykona na podstawie stosownych penomocnictw udzielonych
przez zamawiajcego wraz z zawarciem umów sprzeday paliwa gazowego.
Dostarczane paliwo gazowe musi spenia standardy techniczne zgodnie z
zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi
Normami.
Przewidywane zuycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do bez-kosztowych odchyle od
przewidywanego zuycia o co najmniej +/-15 %. Wskazan tolerancje
naley rozumie jako prawo opcji ustalone przez Zamawiajcego w
rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
09123000, 60300000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 3 293 689,42 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 97
2. Termin patnoci. Waga 3
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
EE/EG/003/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 129-237199 z dnia 8.7.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 9
80-890 Gdask
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 978 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 293 689,42 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau - PL-Czstochowa
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dokument Nr...: 16973-2016 (ID: 2016011909093055070)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
PL-Czstochowa: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
2016/S 12/2016 16973
Miejski Zarzd Dróg i Transportu w Czstochowie, ul. Popieuszki 4/6,
Zu Händen von: Marcin Woek, Marek Kosmowski, Czstochowa 42-217,
POLEN. Telefon: +48 343664337-164. Fax: +48 343664337-160
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 22.12.2015, [1]2015/S
247-449780)
Betr.:
CPV:71322000
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Anstatt:
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
27.1.2016 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.1.2016 (10:00)
muss es heißen:
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
1.2.2016 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.2.2016 (10:00)
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449780-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 19/01/2016 S12 - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Czstochowa: Usugi inynierii projektowej w zakresie inynierii
ldowej i wodnej
2016/S 012-016973
Miejski Zarzd Dróg i Transportu w Czstochowie, ul. Popieuszki 4/6,
Osoba do kontaktów: Marcin Woek, Marek Kosmowski, Czstochowa 42-217,
POLSKA. Tel.: +48 343664337-164. Faks: +48 343664337-160
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 22.12.2015,
[1]2015/S 247-449780)
Przedmiot zamówienia:
CPV:71322000
Usugi inynierii projektowej w zakresie inynierii ldowej i wodnej
Zamiast:
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
27.1.2016 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.1.2016 (10:00)
Powinno by:
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
1.2.2016 (9:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.2.2016 (10:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
przetargowej.
Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-Dresden
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 17073-2016 (ID: 2016011909103755182)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
DE-Dresden: Gebäudereinigung
2016/S 12/2016 17073
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Staatsbetrieb Sächs.Immobilien- und Baumanagement NL Dresden II
Ostra-Allee 23
Kontaktstelle(n): Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement NL Dresden II
Zu Händen von: Frau Ritscher
01067 Dresden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 3514735566
E-Mail: [6]Ingrid.ritscher@SIB.smf.sachsen.de
Fax: +49 3514735777
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: SDV Vergabe GmbH
Tharandter Straße 35
Kontaktstelle(n): Die Vergabeunterlagen sind bestellbar unter
www.evergabe.de. Auskünfte zur Bestellung erteilt SDV Vergabe GmbH,
0351 4203-1444
01159 Dresden
DEUTSCHLAND
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Wirtschaft und Finanzen
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Unterhalts- und Grundreinigung TU Dresden.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Dresden.
NUTS-Code DED21
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
VN 15 FB 500250 Unterhalts- und Grundreinigung TU Dresden RL 4.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90911200
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
15 FB 500251 Unterhalts- und Grundreinigung
Zeuner-Bau, Frenzel-Bau, Mollier-Bau, Jante-Bau, Neuffer-Bau,
Hörsaalzentrum, Baracke1 (STURA), Verwaltungsgebäude 1 ZIS
(Uni mit Kind), Textilmaschinenhalle, Walter-Pauer-Bau, ZET,
Sachsenberg-Bau, Kutzbach-Bau, Berndt-Bau
ca. 5 441 850 m^2 jährliche Reinigungsfläche.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.5.2016. Abschluss 30.4.2019
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Zum Nachweis Ihrer Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) werden Unterlagen und
Angaben gefordert, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt
sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen vorzulegen (§ 7 EG VOL/A).
Folgende Erklärungen und Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen:
Nachweis der Eignung durch Vorlage eines gültigen
Präqualifizierungszertifikates (§ 7 Abs. 4 EG VOL/A) oder die
nachfolgend im Einzelnen unter a) und b) angekreuzten Erklärungen und
Nachweise.
a) Folgende Erklärungen sind mit dem Angebot vorzulegen, sofern kein
Präqualifikationszertifikat vorgelegt wird:
1 Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit
der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind,
1 Referenzliste über vergleichbare Aufträge mit Angabe des
Rechnungswertes und der Leistungszeit für mindestens fünf Referenzgeber
sowie dazu gehörige Ansprechpartner und Telefonnummern, bei denen die
Dienstleistung nicht mehr als 36 Monate zurückliegt oder seit
mindestens 6 Monaten andauert sowie mindestens 3
Referenzbescheinigungen zu den in der Referenzliste aufgeführten
Referenzen:
bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der
zuständigen Behörde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung,
bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesem
ausgestellte Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht
erhältlich, so ist eine einfache Erklärung des Unternehmens ausreichend
1 Angaben über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte,
gegliedert nach Berufsgruppen,
1 Angaben über das dem Unternehmen für die Ausführung der zu vergebenen
Leistung zur Verfügung stehende (=eingeplante) Personal, gegliedert
nach Berufsgruppen,
1 der Eintragung in die Handwerksrolle mit Angabe der Registriernummer
der Handwerkskammer und Eintragungsdatum
1 Darlegung der zur Verfügung stehenden Ausrüstung und Prozessabläufe
gemäß Formblatt Erklärung zur Umsetzung des betrieblichen
Qualitätsmanagements
b) Wenn der Einsatz von Nachunternehmer geplant ist, ist folgende
Erklärung mit dem Angebot vorzulegen:
1 Nachunternehmerverzeichnis
Die o. g. Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen. Bei der
Angebotsabgabe sind Kopien der Nachweise ausreichend; Eigenerklärungen
sind im Original vorzulegen. Die Vergabestelle kann vor
Zuschlagserteilung die Vorlage der Originale verlangen.
Ausländische Bieter haben entsprechende Bescheinigungen des jeweiligen
Herkunftslandes vorzulegen. Wird eine solche Bescheinigung in dem
betreffenden Land nicht ausgestellt, so kann sie durch eine
eidesstattliche Erklärung ersetzt werden. In Staaten, in denen es einen
derartigen Eid nicht gibt, kann dieser durch eine feierliche Erklärung
ersetzt werden.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Siehe III.2.1).
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Siehe III.2.1).
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Preis. Gewichtung 60
2. Jährliche Reinigungsstunden in der Unterhaltsreinigung. Gewichtung
40
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
15 FB 500251
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 37,90 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Papierform der Vergabeunterlagen: 31,85
EUR zzgl. 19 % MwSt. (Bestellnummer 012824A00, Vergabe-Nr. 15FB500251).
Bestellung nur im Internet unter [7]www.evergabe.de/vu. Das Entgelt
wird nicht erstattet. Die Bezahlung erfolgt durch
SEPA-Lastschriftmandat, Kreditkarte (VISA, MasterCard) oder auf
Rechnung. Leistungsverzeichnisse ggf. auf CD-ROM. Elektronische Form
der Vergabeunterlagen: 0 EUR; abrufbar mit kostenpflichtigem Zugang
unter [8]www.evergabe.de
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
10.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 25.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10.3.2016 - 14:00
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Mit der Abgabe ihres Angebots unterliegen nicht berücksichtigte
Bewerber den Bestimmungen des § 22 EG VOL/A. Das Angebot ist nicht
berücksichtigt worden, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein
Auftrag erteilt wurde.
Der Auftraggeber teilt auf Antrag den nicht berücksichtigten Bietern
die Gründe für die Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile
des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters
und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe für ihre
Nichtberücksichtigung mit (§ 22 Abs. 1 EG VOL/A). Der Antrag ist an die
unter Nr. 1 genannte Stelle zu richten.
Der Auftraggeber kann die Informationen zurückhalten, wenn die
Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im
öffentlichen Interesse läge oder die berechtigten Geschäftsinteressen
von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde (§ 22
Abs. 2 EG VOL/A).
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion
Leipzig
Braustraße 2
04107 Leipzig
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 341-977-1040
Internet-Adresse: [9]http://www.ldl.sachsen.de
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement NL Dresden II
Ostra-Allee 23
01067 Dresden
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]bieteranfragen.d2@sib.smf.sachsen.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.1.2016
References
6. mailto:Ingrid.ritscher@SIB.smf.sachsen.de?subject=TED
7. http://www.evergabe.de/vu
8. http://www.evergabe.de/
9. http://www.ldl.sachsen.de/
10. mailto:bieteranfragen.d2@sib.smf.sachsen.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur- und Wartungsdienste - UK-London
Reparatur- und Wartungsdienste
Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
Reparatur und Wartung von Verpflegungseinrichtungen
Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen
Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden
Wartung von Aufzugsanlagen
Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
Dokument Nr...: 17173-2016 (ID: 2016011909112055280)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
UK-London: Reparatur- und Wartungsdienste
2016/S 12/2016 17173
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
NHS Property Services
4th Floor, 1 Lower Marsh
Zu Händen von: Charles Lisa
SE1 7NT London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [4]procurement@property.nhs.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.property.nhs.uk
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50000000, 50531200, 79993000, 50400000, 50883000, 50730000, 50800000,
79993100, 50500000, 50720000, 50610000, 50532000, 50712000, 50711000,
50750000, 50710000
Beschreibung
Reparatur- und Wartungsdienste.
Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen.
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung.
Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten.
Reparatur und Wartung von Verpflegungseinrichtungen.
Reparatur und Wartung von Kühlgruppen.
Diverse Reparatur- und Wartungsdienste.
Betriebsmittelverwaltung.
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und
Maschinen.
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung.
Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und
zugehörigen Einrichtungen.
Reparatur und Wartung von mechanischen Einrichtungen in Gebäuden.
Reparatur und Wartung von elektrischen Einrichtungen in Gebäuden.
Wartung von Aufzugsanlagen.
Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen
in Gebäuden.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:procurement@property.nhs.uk?subject=TED
5. http://www.property.nhs.uk/
6. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
7. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
8. https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
OT: 19/01/2016 S12 - - Services - Contract notice - Restricted
procedure
United Kingdom-London: Repair and maintenance services
2016/S 012-017173
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
NHS Property Services
4th Floor, 1 Lower Marsh
For the attention of: Charles Lisa
SE1 7NT London
UNITED KINGDOM
E-mail: [6]procurement@property.nhs.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.property.nhs.uk
Address of the buyer profile:
[8]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Electronic access to information:
[9]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[10]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Health
Other: healthcare properties
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
The provision of Core Mechanical and Electrical Maintenance Services
Blackburn and Oxfordshire areas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
.
NUTS code UK
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
NHS Property Services Ltd (NHS PS) previously advertised a contract
notice (Ref: 245898-2015) for provision of Core Mechanical and
Electrical maintenance services across its estate of approx. 4 000
properties in 33 Lots.
Due to significant changes to the number of properties in Lots 11 and
25 of the original tender, these Lots were withdrawn and the decision
has been taken to retender these 2 Lots separately, following an OJEU
Restricted Procedure.
The areas covered by this standalone tender are:
Lot 11 which covers 47 properties in the Blackburn area.
Lot 25 which covers 10 properties in the Oxfordshire area.
The maps and property data will provide full details with regards to
the property locations being covered by this tender exercise.
Each Lot will be awarded as a separate contact.
The scope of the Core Mechanical and Electrical maintenance services
will include planned and reactive maintenance. Please refer the Tender
Documents for more details.
All services are to be carried out in compliance with relevant
legislation, industry guidelines, applicable standards and good
practice. The proposed contract shall be for a 3 year period with two
options to extend (refer to Section II.2.2 below for details).
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50531200, 79993000, 50400000, 50883000, 50730000, 50800000,
79993100, 50500000, 50720000, 50610000, 50532000, 50712000, 50711000,
50750000, 50710000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
The required services will be carried out across the sites detailed in
the tender documents. Details of the site locations can be found in the
Tender document. The maximum value of the contract awarded to any one
tenderer will be limited to twice the tenderer's annual turnover.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: Two one-year options for contract
extension(s) to be exercised at the Authority's discretion prior to:
a) the expiry of the initial 36-month contract, and
b) the expiry of the initial 36-month contract plus one year contract
extension.
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Information about lots
1)Short description
2)Common procurement vocabulary (CPV)
50000000
3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
The Contracting Authority intends to use an eTendering system in this
procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Suppliers Instructions How to Express Interest in
this Tender~: 1. Register your company on the eSourcing portal (this is
only required once) Browse to the eSourcing Portal:
[11]https://nhspropertyservices.bravosolution.co.uk and click the link
to register Accept the terms and conditions and click continue
Enter your correct business and user details Note the username you
chose and click Save when complete You will shortly receive an
email with your unique password (please keep this secure) 2. Express an
Interest in the tender Login to the portal with the username/password
Click the PQQs / ITTs Open To All Suppliers link. (These are
Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any
registered supplier) Click on the relevant PQQ/ ITT to access the
content. Click the Express Interest button at the top of the page.
This will move the PQQ /ITT into your My PQQs/ My ITTs page. (This
is a secure area reserved for your projects only) -You can now access
any attachments by clicking Buyer Attachments in the PQQ/ ITT
Details box 3. Responding to the tender Click My Response under
PQQ/ ITT Details, you can choose to Create Response or to Decline
to Respond (please give a reason if declining) You can now use the
Messages function to communicate with the buyer and seek any
clarification Note the deadline for completion, then follow the
on-screen instructions to complete the PQQ/ ITT There may be a
mixture of online and offline actions for you to perform (there is
detailed online help available) You must then submit your reply using
the Submit Response button at the top of the page. If you require any
further assistance please consult the online help, or contact the
eTendering help desk.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: See the tender documents for further details.
Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender
documents for further details.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
See the tender documents for further details.
Minimum level(s) of standards possibly required:
See the tender documents for further details.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: See
the tender documents for further details.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.2.2016
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
VI.3)Additional information
The Contracting Authority intends to use an e-Tendering system in this
procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bearbeitung und Clearing - FR-Beauvais
Bearbeitung und Clearing
Dokument Nr...: 17273-2016 (ID: 2016011909122555391)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
FR-Beauvais: Bearbeitung und Clearing
2016/S 12/2016 17273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Conseil départemental de l'Oise
Direction générale adjointe finances et modernisation, direction de la
commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault
Zu Händen von: M. le président du Conseil départemental
60000 Beauvais
FRANKREICH
Telefon: +33 344066060
E-Mail: [4]ld-commandepublique-sao@oise.fr
Fax: +33 344027717
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.oise.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66133000
Beschreibung
Bearbeitung und Clearing.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Le Chèque Cadhoc
27-29 avenue des Louvresses ZAC des Louvresses BP 32
92234 Gennevilliers Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 195 000 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:ld-commandepublique-sao@oise.fr?subject=TED
5. http://www.oise.fr/
6. http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
OT: 19/01/2016 S12 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Attribution de marché sans publication préalable
France-Beauvais: Services de traitement d'opérations et services de
compensation
2016/S 012-017273
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Conseil départemental de l'Oise
Direction générale adjointe finances et modernisation, direction de la
commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault
À l'attention de: M. le président du Conseil départemental
60000 Beauvais
FRANCE
Téléphone: +33 344066060
E-mail: [6]ld-commandepublique-sao@oise.fr
Fax: +33 344027717
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.oise.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]http://www.marches-securises.fr/perso/cg60/
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Service de délivrance de chèques cadeaux en faveur des agents du
département de l'Oise.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6b:
Code NUTS FR222
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le marché a pour objet la délivrance, en faveur des agents du
département de l'Oise de «Chèques cadeaux» qui seront offerts à
l'occasion des fêtes de fin d'année et des départs en retraite.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66133000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
section 2 de lannexe D1)
Justification de lattribution du marché sans publication préalable
dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE
Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
Le marché est d'un montant inférieur aux seuils fixés par la directive
2004/18 et a été passé selon une procédure adaptée (articles 26-II, 28
et 29 du code des marchés publics). La publication préalable d'un avis
de marché au JOUE n'est pas obligatoire.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15-DRH-CO-12
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Service de délivrance de «Chèques cadeaux» en faveur des
agents du département de l'Oise
V.1)Date d'attribution du marché:
9.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Le Chèque Cadhoc
27-29 avenue des Louvresses ZAC des Louvresses BP 32
92234 Gennevilliers Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 195 000 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
La consultation est établie selon une procédure adaptée, conformément
aux articles 26 II, 28 et 29 du code des marchés publics. Le marché
sera exécuté par émission de bons de commande en application de
l'article 77 du code des marchés publics. S'agissant d'un marché à bons
de commande, il est conclu sur sa durée totale (12 mois) sans montant
minimum et avec un montant maximum de 195 000 EUR (HT). Par conséquent,
le montant indiqué à la rubrique V.4 est le montant maximum du marché
sur sa durée totale soit 12 mois.
Le Conseil d'État ayant jugé, par un arrêt «Société Tropic Travaux
Signalisation», que «tout concurrent évincé de la conclusion d'un
contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un
recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou
de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas
échéant, de demandes indemnitaires; que ce recours doit être exercé, y
compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans
un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de
publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la
fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans
le respect des secrets protégés par la loi» (CE, 16.7.2007, «Société
Tropic Travaux Signalisation», n^o 291545), il est précisé que le
marché peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la
loi et notamment du secret en matière commerciale et industrielle,
selon les modalités suivantes:
par consultation gratuite dans les locaux du Conseil départemental de
l'Oise, direction générale adjointe finances et modernisation,
direction de la commande publique, 224 bis avenue Marcel Dassault,
60000 Beauvais du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à
17:00 (sur rendez-vous);
par la délivrance d'une copie sur support papier, dans les conditions
définies par l'article 35 du décret n^o 2005- 1755 du 30.12.2005
relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la
loi no 78-753 du 17.7.1978;
par courrier électronique et sans frais. Les demandes de rendez-vous
ou de délivrance sont à formuler par courrier auprès du Conseil
départemental de l'Oise direction générale adjointe finances et
modernisation direction de la commande publique 224 bis avenue
Marcel Dassault 60000 Beauvais, par téléphone (+33 3 44 06 60 92) ou
par mail [9]ld-commandepublique-sao@oise.fr ).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier, CS 81114
80011 Amiens Cedex 1
E-mail: [10]greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone: +33 322336170
Adresse internet: [11]http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
Fax: +33 322336171
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier, CS 81114
80011 Amiens Cedex 1
E-mail: [12]greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone: +33 322336170
Adresse internet: [13]http://amiens.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
Fax: +33 322336171
VI.4)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Computeranlagen und Zubehör - PL-Breslau
Computeranlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 173-2016 (ID: 2016010209270737462)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
PL-Breslau: Computeranlagen und Zubehör
2016/S 1/2016 173
Województwo Dolnolskie Urzd Marszakowski Województwa
Dolnolskiego, Wybrzee J. Sowackiego 1214, Zu Händen von: Anna
Nowicka, Wrocaw 50-411, POLEN. Fax: +48 717769702. E-Mail:
zamowienia.publiczne@umwd.pl
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.12.2015, [1]2015/S
253-462939)
Betr.:
CPV:30200000
Computeranlagen und Zubehör
Anstatt:
V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
4.
muss es heißen:
V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
6.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462939-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 02/01/2016 S1 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Wrocaw: Urzdzenia komputerowe
2016/S 001-000173
Województwo Dolnolskie Urzd Marszakowski Województwa
Dolnolskiego, Wybrzee J. Sowackiego 1214, Osoba do kontaktów: Anna
Nowicka, Wrocaw 50-411, POLSKA. Faks: +48 717769702. E-mail:
zamowienia.publiczne@umwd.pl
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 31.12.2015,
[1]2015/S 253-462939)
Przedmiot zamówienia:
CPV:30200000
Urzdzenia komputerowe
Zamiast:
V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
4.
Powinno by:
V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert:
6.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Einsammeln von Hausmüll - FR-La Chapelle-Basse-Mer
Einsammeln von Hausmüll
Abholung von Siedlungsabfällen
Altpapiersammlung
Dokument Nr...: 17373-2016 (ID: 2016011909131655488)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
FR-La Chapelle-Basse-Mer: Einsammeln von Hausmüll
2016/S 12/2016 17373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Communauté de communes Loire Divatte
24440051100014
84 rue Jean Monnet
Zu Händen von: M. Corbet Paul, président
44450 La Chapelle-Basse-Mer
FRANKREICH
Telefon: +33 251719216
E-Mail: [4]melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.centraledesmarches.com/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90511200, 90511000, 90511400
Beschreibung
Einsammeln von Hausmüll.
Abholung von Siedlungsabfällen.
Altpapiersammlung.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015/007-AO Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Veolia Grandjouan SACO
6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
44205 Nantes Cedex 2
FRANKREICH
E-Mail: [6]christine.oustry@veolia.com
Telefon: +33 228037839
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 439 867,54 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 10
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 5
Auftrags-Nr: 2015/007-AO Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Veolia Grandjouan SACO
6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
44205 Nantes Cedex 2
FRANKREICH
E-Mail: [7]christine.oustry@veolia.com
Telefon: +33 228037839
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 38 949,28 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 10
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 5
References
4. mailto:melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr?subject=TED
5. http://www.centraledesmarches.com/
6. mailto:christine.oustry@veolia.com?subject=TED
7. mailto:christine.oustry@veolia.com?subject=TED
OT: 19/01/2016 S12 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-La Chapelle-Basse-Mer: Services de collecte des ordures
ménagères
2016/S 012-017373
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Communauté de communes Loire Divatte
24440051100014
84 rue Jean Monnet
À l'attention de: M. Corbet Paul, président
44450 La Chapelle-Basse-Mer
FRANCE
Téléphone: +33 251719216
E-mail: [6]melinee.raturat@cc-loiredivatte.fr
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.centraledesmarches.com/
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages recyclables,
des journaux-revues-magazines et du verre et prestation de
conteneurisation.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 16: Services de voirie et d'enlèvement des
ordures: services d'assainissement et services analogues
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: 84 rue Jean Monnet, 44450 La
Chapelle-Basse-Mer
Code NUTS FR511
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché a pour objet les prestations de collecte des ordures
ménagères et assimilées, des emballages ménagers recyclables et la
conteneurisation et maintenance des bacs, sur l'ensemble de la
communauté de communes Loire-Divatte.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90511200, 90511000, 90511400
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 137-252753 du 18.7.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015/007-AO Lot nº: 1 - Intitulé: Collecte en porte-à-porte
des ordures ménagères résiduelles, des emballages et leur transfert
ainsi que la conteneurisation
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Veolia Grandjouan SACO
6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
44205 Nantes Cedex 2
FRANCE
E-mail: [9]christine.oustry@veolia.com
Téléphone: +33 228037839
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 439 867,54 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 10
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 5
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Marché nº: 2015/007-AO Lot nº: 2 - Intitulé: Collecte en apport
volontaire du verre, des journaux-revues-magazines et leur transfert
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Veolia Grandjouan SACO
6 rue Nathalie Sarraute, TSA 70505
44205 Nantes Cedex 2
FRANCE
E-mail: [10]christine.oustry@veolia.com
Téléphone: +33 228037839
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 38 949,28 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 10
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 5
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce nº 15-109835, mise en ligne le 16.7.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kartografiedienste - PL-Warschau
Kartografiedienste
Dokument Nr...: 17473-2016 (ID: 2016011909142655579)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
PL-Warschau: Kartografiedienste
2016/S 12/2016 17473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Miasto Stoeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Zu Händen von: Dariusz Kowalczyk
00-950 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 224431420
E-Mail: [4]dkowalczyk@um.warszawa.pl
Fax: +48 224431402
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.um.warszawa.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71354000
Beschreibung
Kartografiedienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 410 795 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: ZP/DK/271/III-195/15 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Warszawskie Przedsibiorstwo Geodezyjne S.A.
00-497 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 95 741,91 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 262 925 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Auftrags-Nr: ZP/DK/271/III-195/15 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch
43-382 Bielsko-Biaa
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 41 823,46 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 147 870 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:dkowalczyk@um.warszawa.pl?subject=TED
5. http://www.um.warszawa.pl/
OT: 19/01/2016 S12 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usugi sporzdzania map
2016/S 012-017473
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Stoeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Osoba do kontaktów: Dariusz Kowalczyk
00-950 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224431420
E-mail: [6]dkowalczyk@um.warszawa.pl
Faks: +48 224431402
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.um.warszawa.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej
dla wybranych obszarów m. st. Warszawy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
technicznych; usugi bada i analiz technicznych
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usuga wykonania numerycznej mapy
zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla wybranych obszarów m.st.
Warszawy.
Przedmiot zamówienia wyodrbniony jest w 2 czciach zwanych dalej
Zadaniami:
Zadanie 1 obszar Dzielnicy Wola o powierzchni 1618 ha,
Zadanie 2 obszar Dzielnicy Ursus o powierzchni 930 ha.
Termin realizacji zamówienia ustala si nastpujco:
dla Zadania 1 (cze 1 zam.) od dnia podpisania umowy do
28.11.2016,
dla Zadania 2 (cze 2 zam.) od dnia podpisania umowy do
31.10.2016.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
71354000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 410 795 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena brutto. Waga 90
2. Termin realizacji Etapu III. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
ZP/DK/271/III-195/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 198-359592 z dnia 13.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/DK/271/III-195/15 Cz nr: 1 - Nazwa: Wykonanie
numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla
wybranych obszarów m.st. Warszawy. Zadanie 1 obszar Dzielnicy Wola o
powierzchni 1618 ha
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 19
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Warszawskie Przedsibiorstwo Geodezyjne S.A.
00-497 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 95 741,91 EUR
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 262 925 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZP/DK/271/III-195/15 Cz nr: 2 - Nazwa: Wykonanie
numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla
wybranych obszarów m.st.Warszawy. Zadanie 2 obszar Dzielnicy Ursus o
powierzchni 930 ha
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 18
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
STUDIO PLAN Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch
43-382 Bielsko-Biaa
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 41 823,46 EUR
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 147 870 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jak w pkt VI.4.1)
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: rodki ochrony
prawnej s okrelone szczegóowo w dziale VI ustawy Prawo zamówie
publicznych.
Przysuguj Wykonawcy a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie
szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy.
rodki ochrony prawnej wobec ogoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przysuguj równie organizacjom wpisanym
na list o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
jak w pkt VI.4.1)
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Tank- und Behälterreinigung - FR-Clermont-Ferrand
Tank- und Behälterreinigung
Dokument Nr...: 17573-2016 (ID: 2016011909152255690)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
FR-Clermont-Ferrand: Tank- und Behälterreinigung
2016/S 12/2016 17573
Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit
Dienstleistungen
Richtlinie 2009/81/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mindef/Air/SIAÉ
Atelier industriel de l'aéronautique 161 avenue du Brézet CS 70501
Zu Händen von: Directeur de l'AIA Clermont-Ferrand
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90913000
Beschreibung
Tank- und Behälterreinigung .
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 417 456 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015 15 31 121 000 00 00
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sanitra Fourrier
Agence de Mérignac, 8 rue André Dousse
33700 Mérignac
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 417 456 EUR
ohne MwSt
References
OT: 19/01/2016 S12 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure restreinte
France-Clermont-Ferrand: Services de nettoyage de cuves et de
réservoirs
2016/S 012-017573
Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
défense et de la sécurité
Services
Directive 2009/81/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Mindef/Air/SIAÉ
Atelier industriel de l'aéronautique 161 avenue du Brézet CS 70501
À l'attention de: Directeur de l'AIA Clermont-Ferrand
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
15052- prestations de nettoyage spécifique à l'installation de décapage
chimique de l'AIA BX.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 18: Services de nettoyage de bâtiments et
services de gestion de propriétés
Code NUTS
II.1.3)Information sur laccord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Les prestations de nettoyage spécifique à l'installation de décapage
chimique de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90913000
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 417 456 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Restreinte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix: comparé à l'offre du moins-disant en prix suivant la méthode
de dépouillement des offres jointe en annexe au règlement de la
consultation. Pondération 90
2. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en
difficulté: taux de travailleurs handicapés.. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15052MG0X000
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015 15 31 121 000 00 00 Intitulé: 15052- Prestations de
nettoyage spécifique à l'installation de décapage chimique de l'AIA BX
V.1)Date d'attribution du marché:
11.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Sanitra Fourrier
Agence de Mérignac, 8 rue André Dousse
33700 Mérignac
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 417 456 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon BP 129
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Téléphone: +33 473146100
Fax: +33 473146129
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand
Sous-direction des achats/HASJ, à l'attention de Frédéric de Belay, 161
avenue du Brézet, CS 70501
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
Téléphone: +33 473424435
Fax: +33 473424550
VI.4)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer - FR-Paris
Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer
Postbeförderung auf der Straße
Straßentransport/-beförderung
Paketbeförderung
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 17673-2016 (ID: 2016011909163655796)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
FR-Paris: Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer
2016/S 12/2016 17673
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
[La Poste] direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
Zu Händen von: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 153584229
E-Mail: [4]anita.delamaire@laposte.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.laposte.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.laposte.fr/fournisseurs
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
Weitere Auskünfte erteilen: [La Poste] direction opérationnelle
territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
Zu Händen von: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 153584229
E-Mail: [9]anita.delamaire@laposte.fr
Internet-Adresse: [10]http://www.laposte.fr
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: [La Poste]
direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
Zu Händen von: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 153584229
E-Mail: [11]anita.delamaire@laposte.fr
Internet-Adresse: [12]http://www.laposte.fr
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: [La Poste] direction
opérationnelle territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
Zu Händen von: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 153584229
E-Mail: [13]anita.delamaire@laposte.fr
Internet-Adresse: [14]http://www.laposte.fr/fournisseurs
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
Beschreibung
Vermietung von Schwerlastwagen mit Fahrer.
Postbeförderung auf der Straße.
Straßentransport/-beförderung.
Paketbeförderung.
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen.
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: CAD 12-20A
1)Kurze Beschreibung:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 20:00 à 6:00 du lundi au vendredi et de 22:00 à 6:00 les dimanches
et fériés.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
Los-Nr: 2 Bezeichnung: CAD 12-05B STP
1)Kurze Beschreibung:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 5:00 à 13:00 du lundi au samedi et lendemain de férié.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
Los-Nr: 3 Bezeichnung: MAD 12 PIC Villeneuve
1)Kurze Beschreibung:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 4:30 à 11:30 du lundi au samedi.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
Los-Nr: 4 Bezeichnung: MAD 15 Lognes 5 11 LU SA
1)Kurze Beschreibung:
Location d'un véhicule industriel 15 conteneurs postaux avec conducteur
de 5:00 à 11:00 du lundi au samedi.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Laufzeit in Monaten: 36 (ab Auftragsvergabe)
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 14:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
5. http://www.laposte.fr/
6. http://www.laposte.fr/fournisseurs
7. http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
8. https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
9. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
10. http://www.laposte.fr/
11. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
12. http://www.laposte.fr/
13. mailto:anita.delamaire@laposte.fr?subject=TED
14. http://www.laposte.fr/fournisseurs
OT: 19/01/2016 S12 - - Services - Avis de marché - Procédure
négociée
France-Paris: Location de véhicules industriels avec chauffeur
2016/S 012-017673
Avis de marché secteurs spéciaux
Services
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
[La Poste] direction opérationnelle territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
À l'attention de: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 153584229
E-mail: [6]anita.delamaire@laposte.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale de lentité adjudicatrice: [7]http://www.laposte.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.laposte.fr/fournisseurs
Accès électronique à l'information:
[9]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/Opportunite/Details/12298
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]https://eachats-laposte.bravosolution.com/login.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: [La Poste] direction opérationnelle territoriale
transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
À l'attention de: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 153584229
E-mail: [11]anita.delamaire@laposte.fr
Adresse internet: [12]http://www.laposte.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un système
dacquisition dynamique) peuvent être obtenus: [La Poste] direction
opérationnelle territoriale transport (DOTT)
6 rue François Bonvin
À l'attention de: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 153584229
E-mail: [13]anita.delamaire@laposte.fr
Adresse internet: [14]http://www.laposte.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: [La Poste] direction opérationnelle territoriale transport
(DOTT)
6 rue François Bonvin
À l'attention de: Anita Delamaire
75737 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 153584229
E-mail: [15]anita.delamaire@laposte.fr
Adresse internet: [16]http://www.laposte.fr/fournisseurs
I.2)Activité principale
Services postaux
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché par lentité adjudicatrice:
Locations de 4 véhicules industriels avec conducteurs.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 4: Transports de courrier par transport
terrestre [3] et par air
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: FR10.
Code NUTS FR10
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Locations de 4 véhicules industriels avec conducteurs pour l'exécution
de transports d'envois (courrier, colis, presse, déchets non dangereux
...) en Île-de-France et départements limitrophes selon les consignes
et plages horaires définies par La Poste.
Selon les lots, les prestations sont à réaliser en porteur 12
conteneurs postaux (hauteur totale 3.05 m et PTAC 12 tonnes) et en
porteurs 15 conteneurs postaux (hauteur totale 3.15 m et PTAC 14
tonnes).
Tous les véhicules devront être carrossés avec hayon.
Les véhicules 12 conteneurs postaux doivent être surbaissés (3.05 m)
ainsi que les 15 conteneurs postaux (3.15 m).
Le contrat sera passé pour une durée de 36 mois, par période ferme ou
par prorogations.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Information sur les lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
4 Locations de véhicules industriels avec conducteurs.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Les options sont les périodes de
prorogations éventuelles du contrat.
À ce titre, les prestations pourront être commandées pendant les
périodes de prorogations éventuelles du marché.
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: CAD 12-20A
1)Description succincte:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 20:00 à 6:00 du lundi au vendredi et de 22:00 à 6:00 les dimanches
et fériés.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
Lot nº: 2 Intitulé: CAD 12-05B STP
1)Description succincte:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 5:00 à 13:00 du lundi au samedi et lendemain de férié.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
Lot nº: 3 Intitulé: MAD 12 PIC Villeneuve
1)Description succincte:
Location d'un véhicule industriel 12 conteneurs postaux avec conducteur
de 4:30 à 11:30 du lundi au samedi.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
Lot nº: 4 Intitulé: MAD 15 Lognes 5 11 LU SA
1)Description succincte:
Location d'un véhicule industriel 15 conteneurs postaux avec conducteur
de 5:00 à 11:00 du lundi au samedi.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60182000, 60160000, 60100000, 60161000, 90500000
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 36 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Le candidat devra fournir à La Poste avant la signature du contrat 3
attestations d'assurance avec les dates de validité (RC exploitation,
RC flotte de véhicule, RC marchandises).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Financement du marché par les ressources propres de La Poste.
La Poste procède au paiement dans un délai de 30 jours à compter de la
date d'émission de la facture.
Paiement effectué en euro.
Les sous-traitants bénéficieront du paiement direct dans les conditions
de la loi n° 75-1334 du 31.12.1975 modifiée.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Le prestataire devra fournir à La Poste,
dans un délai de un mois à compter de la prise d'effet du contrat, le
récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par
route de déchets.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Le candidat remettra, en même temps que la demande de
participation, les documents indiqués ci-dessous:
1/ un extrait K-bis de moins de 3 mois ou équivalence
2/ s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés
3/ une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du
fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 (document disponible
sur [17]http://www.legifrance.gouv.fr)
4 / L'attestation de capacité professionnelle pour l'exercice des
activités de transporteur routier de marchandises ou de loueur de
véhicules industriels.
La non remise des éléments demandés et des documents sus mentionnés
dans le présent avis entrainera l'élimination de l'entreprise
candidate.
L'ensemble des renseignements demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3
sera fourni via le modèle de participation ou sous format libre.
Si le candidat se présente en groupement, il devra fournir une lettre
de constitution du groupement signée par chacun des membres du
groupement, précisant les noms ou dénominations, adresses, téléphones,
télécopies et courriels de chacun des membres, l'identité du mandataire
et les pouvoirs qui lui sont donnés. Chaque membre du groupement devra
fournir l'ensemble des renseignements sus visés.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Le candidat devra justifier disposer du parc minimum
suivant:
Pour le lot 1: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
son parc.
Critère éliminatoire.
Pour le lot 2: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
son parc.
Critère éliminatoire.
Pour le lot 3: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
son parc.
Critère éliminatoire.
Pour le lot 4: au moins 3 véhicules industriels type porteur.
À ce titre, le candidat communique 3 copies intégrales des copies
conformes de sa licence communautaire délivrées pour les véhicules de
son parc.
Critère éliminatoire.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives applicables: Professionnel du transport routier de
marchandises ou de la location de véhicules industriels: attestation de
capacité à fournir (voir III.2.1).
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
de certains types de procédures négociées): non
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à confirmer lintérêt ou dans linvitation à présenter une
offre ou à négocier
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
EUR_2016-000020
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions dobtention du cahier des charges et des documents
complémentaires (sauf pour un SAD)
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
15.2.2016 - 14:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.6)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
IV.3.7)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
Le candidat envoie par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception ou dépose contre récépissé à l'adresse du point de contact sa
demande de participation écrite accompagnée de l'ensemble des documents
demandés aux rubriques III.2.1 à III.2.3 avant la date et heure limites
figurant à la rubrique IV.3.4.
Le candidat souhaitant répondre via le modèle de demande de
participation pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le
formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site
Internet de La Poste (espace fournisseurs:
[18]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr).
Seuls les candidats ayant satisfaits aux critères déterminés dans les
rubriques III.2.1 à III.3.1 seront invités à présenter une offre.
Le dossier de consultation sera mis à la disposition des candidats
admis à présenter une offre sur la plate-forme eAchats de La Poste.
Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les
suivantes:
Si le candidat est admis à présenter une offre à l'issue de la
sélection, il sera invité par l'acheteur à se connecter à la
plate-forme eAchats par courrier électronique. Ce courrier électronique
précisera les modalités de connexion.
Par ailleurs, lors de sa demande de participation via le site Internet
de La Poste (espace fournisseurs:
[19]http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr), le candidat aura
préalablement obtenu et validé les conditions générales d'utilisation
(CGU) de la plate-forme eAchats, puis téléchargé le guide d'utilisation
eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui
utilisera la plate-forme eAchats;
Conditions de connexion à la plate-forme eAchats:
Un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées
(HTTPS)
Une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme
Un ordinateur équipé soit du navigateur Internet Explorer v9 à v11,
soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, téléchargeables
gratuitement respectivement sur [20]http://www.microsoft.com et sur
[21]http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
Nota: l'utilisation d'autres logiciels est déconseillée voire
impossible.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75001 Paris
FRANCE
Téléphone: +33 144325151
Fax: +33 144327856
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du TGI de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris Cedex 01
FRANCE
Téléphone: +33 144325151
Fax: +33 144327856
VI.5)Date denvoi du présent avis:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reinigungsdienste - PL-Warschau
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 1773-2016 (ID: 2016010509075339101)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
PL-Warschau: Reinigungsdienste
2016/S 2/2016 1773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Wojskowe Towarzystwo Budownicwa Spoecznego KWATERA Sp. z o.o.
ul. Starociska 1
Zu Händen von: Natalia Markowska
02-516 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 223794545
E-Mail: [4]zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl
Fax: +48 223794543
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]www.kwatera.nieruchomosci.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90910000
Beschreibung
Reinigungsdienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 112 147,80 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Borste Service Sp. z o.o.
ul. Esperanto 14/1
01-049 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 130 680 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 112 147,80 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl?subject=TED
5. http://www.kwatera.nieruchomosci.pl/
OT: 05/01/2016 S2 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usugi sprztania
2016/S 002-001773
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojskowe Towarzystwo Budownicwa Spoecznego KWATERA Sp. z o.o.
ul. Starociska 1
Osoba do kontaktów: Natalia Markowska
02-516 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223794545
E-mail: [6]zamowieniapubliczne@kwatera.nieruchomosci.pl
Faks: +48 223794543
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.kwatera.nieruchomosci.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Budownictwo i obiekty komunalne
Inny: zarzdzanie nieruchomociami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie usug w zakresie sprztania i utrzymania czystoci w
czciach wspólnych i na terenie zewntrznym nieruchomoci pooonej w
Legionowie przy ul. Piaskowej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 14: Usugi sprztania budynków i usugi zarzdzania
mieniem
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Legionowo, ul. Piaskowa.
Kod NUTS PL12
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usug w zakresie sprztania i utrzymania czystoci w
czciach wspólnych i na terenie zewntrznym nieruchomoci pooonej w
Legionowie przy ul. Piaskowej.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90910000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 112 147,80 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Czas wykonania interwencyjnego sprztania po wystpieniu awarii.
Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
WZP.WZN.106.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 197-357602 z dnia 10.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Borste Service Sp. z o.o.
ul. Esperanto 14/1
01-049 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 130 680 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 112 147,80 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588701
Faks: +48 224588700
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Dokadne
informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z dziaem VI
rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
Postpu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588701
Faks: +48 224588700
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen - CH-Münchenstein
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dokument Nr...: 17773-2016 (ID: 2016011909172955838)
Veröffentlicht: 19.01.2016
*
CH-Münchenstein: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
2016/S 12/2016 17773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Münchenstein, Bauverwaltung
Schulackerstraße 4
Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
4142 Münchenstein
SCHWEIZ
E-Mail: [6]sandra.thomann@muenchenstein.ch
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung
Schulackerstraße 4
Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
4142 Münchenstein
SCHWEIZ
E-Mail: [7]sandra.thomann@muenchenstein.ch
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Münchenstein: Submission Abfallsammlungen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 16: Abfall- und Abwasserbeseitigung,
sanitäre und ähnliche Dienstleistungen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 4142
Münchenstein.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut (inkl. Gewerbekehricht,
Grobsperrgut und Metallen), Bioabfällen (Gartenabfällen und
Küchenabfällen), Papier und Karton (getrennt), sowie Glas und
Alu/Weissblech.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 1: Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut,
Gewerbekehricht und Grobsperrgut sowie Metallen.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 2 000 t.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 2: Sammlung und Transport von Bioabfällen (Gartenabfällen
und Küchenabfällen).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 450 t.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 3: Sammlung und Transport von Papier und Karton
(getrennt).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 750 t Papier, +/- 180 t Karton.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 4: Sammlung und Transport von Glas (Bruchglas) und
Alu/Weissblech.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 420 t Glas, +/- 26 t Alu/Weissblech.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Anbieter in Form von Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen und müssen
dies entsprechend ausweisen. Es ist anzugeben, welche Firma dabei
federführend ist. Es muss klar ersichtlich sein, welche Firma der
Arbeitsgemeinschaft welche Leistungen erbringt.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:
Angebote sind schriftlich, vollständig und innerhalb der angegebenen
Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten
Vorgaben einhalten.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Zahlungsbedingungen und -weise: Keine.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 16:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 1.1.2017
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.3)Zusätzliche Angaben
Teilangebote sind zugelassen.
Verhandlungen: keine.
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft.
Rechtsmittelbelehrung: Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese
Publikation innerhalb von 10 Tagen, nach seiner Publikation im
Amtsblatt an gerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen
aufschiebende Wirkung zu. Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher
Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und
die Unterschrift der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden
Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des
Auftrags) ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor
Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.
Liefertermin / Bemerkungen: Unternehmervarianten sind nicht zulässig
und werden nicht berücksichtigt.
Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der offiziellen Adressetikette, mit der Aufschrift
Münchenstein: Submission Abfallsammlungen , an die Gemeinde
Münchenstein, Bauverwaltung, Schulackerstraße 4, 4142 Münchenstein
einzureichen. Maßgebend ist das Eintreffen des Angebots bei der
angegebenen Adresse und nicht das Datum des Poststempels. Persönliche
Abgabe am Empfangsschalter der Bauverwaltung möglich.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.1.2016, Dok. 896605.
Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 27.1.2016.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.1.2016
References
6. mailto:sandra.thomann@muenchenstein.ch?subject=TED
7. mailto:sandra.thomann@muenchenstein.ch?subject=TED
OT: 19/01/2016 S12 - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung -
Offenes Verfahren
die Schweiz-Münchenstein: Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Siedlungs- und anderen Abfällen
2016/S 012-017773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Münchenstein, Bauverwaltung
Schulackerstraße 4
Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
4142 Münchenstein
SCHWEIZ
E-Mail: [6]sandra.thomann@muenchenstein.ch
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung
Schulackerstraße 4
Kontaktstelle(n): Bauverwaltung
4142 Münchenstein
SCHWEIZ
E-Mail: [7]sandra.thomann@muenchenstein.ch
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Münchenstein: Submission Abfallsammlungen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 16: Abfall- und Abwasserbeseitigung,
sanitäre und ähnliche Dienstleistungen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 4142
Münchenstein.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut (inkl. Gewerbekehricht,
Grobsperrgut und Metallen), Bioabfällen (Gartenabfällen und
Küchenabfällen), Papier und Karton (getrennt), sowie Glas und
Alu/Weissblech.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 1: Sammlung und Transport von Kehricht/Sperrgut,
Gewerbekehricht und Grobsperrgut sowie Metallen.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 2 000 t.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 2: Sammlung und Transport von Bioabfällen (Gartenabfällen
und Küchenabfällen).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 450 t.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 3: Sammlung und Transport von Papier und Karton
(getrennt).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 750 t Papier, +/- 180 t Karton.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4
1)Kurze Beschreibung
Teilleistung 4: Sammlung und Transport von Glas (Bruchglas) und
Alu/Weissblech.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90500000
3)Menge oder Umfang
+/- 420 t Glas, +/- 26 t Alu/Weissblech.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Anbieter in Form von Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen und müssen
dies entsprechend ausweisen. Es ist anzugeben, welche Firma dabei
federführend ist. Es muss klar ersichtlich sein, welche Firma der
Arbeitsgemeinschaft welche Leistungen erbringt.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:
Angebote sind schriftlich, vollständig und innerhalb der angegebenen
Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung genannten
Vorgaben einhalten.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Zahlungsbedingungen und -weise: Keine.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 16:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 1.1.2017
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.3)Zusätzliche Angaben
Teilangebote sind zugelassen.
Verhandlungen: keine.
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft.
Rechtsmittelbelehrung: Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese
Publikation innerhalb von 10 Tagen, nach seiner Publikation im
Amtsblatt an gerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen
aufschiebende Wirkung zu. Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher
Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und
die Unterschrift der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden
Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des
Auftrags) ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor
Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.
Liefertermin / Bemerkungen: Unternehmervarianten sind nicht zulässig
und werden nicht berücksichtigt.
Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der offiziellen Adressetikette, mit der Aufschrift
Münchenstein: Submission Abfallsammlungen , an die Gemeinde
Münchenstein, Bauverwaltung, Schulackerstraße 4, 4142 Münchenstein
einzureichen. Maßgebend ist das Eintreffen des Angebots bei der
angegebenen Adresse und nicht das Datum des Poststempels. Persönliche
Abgabe am Empfangsschalter der Bauverwaltung möglich.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.1.2016, Dok. 896605.
Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 27.1.2016.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen - DE-Langen
Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
Dokument Nr...: 17873-2016 (ID: 2016012009015856036)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
DE-Langen: Bauarbeiten für Gebäude im Gesundheitswesen
2016/S 13/2016 17873
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Asklepios Kliniken Langen Seligenstadt GmbH
Röntgenstraße 20
Zu Händen von: Herrn See
63225 Langen
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6174901242
E-Mail: [6]j.see@asklepios.com
Fax: +49 6174901212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.asklepios.com
Weitere Auskünfte erteilen: Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft
mbH, KB Architektur und Bau
Debusweg 3
Zu Händen von: Hrn. See
61462 Königstein-Falkenstein
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6174901242
E-Mail: [8]j.see@asklepios.com
Fax: +49 6174901212
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, KB
Architektur und Bau
Debusweg 3
Zu Händen von: Hrn. See
61462 Königstein-Falkenstein
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6174901242
E-Mail: [9]j.see@asklepios.com
Fax: +49 6174901212
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Asklepios Kliniken
Verwaltungsgesellschaft mbH, KB Architektur und Bau
Debusweg 3
Zu Händen von: Hrn. See
61462 Königstein-Falkenstein
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6174901242
E-Mail: [10]j.see@asklepios.com
Fax: +49 6174901212
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Krankenhausbetreiber
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
LAN 2.281.11 ZUB 3. BA: Los 03 Außenfenster und -türen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Röntgenstraße 20, 63225 Langen.
NUTS-Code DE71C
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Los 03 Außenfenster und -türen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45215100, 45421100
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 25.4.2016. Abschluss 5.7.2019
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft: 10 % der Bruttoauftragssumme bzw.
Sicherheitseinbehalt bei Abschlagsrechnungen (wenn keine
Vertragserfüllungsbürgschaft vorliegt ): 10 % der Bruttoauftragssumme.
Gewährleistungseinbehalt bei Schlussrechnung: 5 % der Bruttosumme
(ablösbar durch Bankbürgschaft einer deutschen Geschäftsbank oder
Sparkasse) einschl. evtl. genehmigter Nachträge.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Abschlagszahlungen: 30 Tage nach Eingang der geprüften
Rechnungsunterlagen.
Schlusszahlung: 60 Tage nach Eingang der geprüften Rechnungsunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem
Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Rückfragen sind ausschließlich
schriftlich, per E-Mail, einzureichen.
Die Sammelbeantwortung aller Fragen erfolgt an alle Bieter
gleichzeitig.
Fristen siehe EFB-Blätter.
Nach Auftragsvergabe erfolgen alle Planläufe ausschließlich digital
über einen vom AG verwalteten Datenraum.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Preis. Gewichtung 100
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
LAN_2.281.11_Los 03
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 19.2.2016 - 12:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 10:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 1.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 3.3.2016 - 10:30
Ort:
Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH,
KB Bau, Besprechungsraum. 1. OG,
Debusweg 3, 61462 Königstein Falkenstein
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die
Bieter oder deren bevollmächtigter Vertreter (jeweils max. 1 Person pro
Bieter).
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Kostenfreier Download der Unterlagen auf:
[11]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=9E1BPTZ8G6U
QD4MR
Nachr. HAD-Ref.: 352/427.
Nachr. V-Nr/AKZ: LAN_2.281.11_Los 03.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15.1.2016
References
6. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
7. http://www.asklepios.com/
8. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
9. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
10. mailto:j.see@asklepios.com?subject=TED
11. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=9E1BPTZ8G6UQD4MR
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Bauwerke - PL-Police
Diverse Bauwerke
Dokument Nr...: 17973-2016 (ID: 2016012009024656145)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
PL-Police: Diverse Bauwerke
2016/S 13/2016 17973
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police S.A.
Kunicka 1
Zu Händen von: Marek Lipiski
72-010 Police
POLEN
Telefon: +48 913173266
E-Mail: [4]marek.lipinski@grupaazoty.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.grupaazoty.com
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44112000
Beschreibung
Diverse Bauwerke.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
26.1.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:marek.lipinski@grupaazoty.com?subject=TED
5. http://www.grupaazoty.com/
OT: 20/01/2016 S13 - - Roboty budowlane - Ogoszenie o zamówieniu -
Procedura otwarta
Polska-Police: Róne konstrukcje budowlane
2016/S 013-017973
Ogoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police S.A.
Kunicka 1
Osoba do kontaktów: Marek Lipiski
72-010 Police
POLSKA
Tel.: +48 913173266
E-mail: [6]marek.lipinski@grupaazoty.com
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.grupaazoty.com
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: spóka akcyjna
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: substancje chemiczne, nawozy, wiedza i badania, innowacje,
energia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Modelowanie, projekt wykonawczy, wykonanie i monta kanaów spalin
odsiarczonych (zimnych) oraz projekt wykonawczy, wykonanie i monta
fundamentów i podpór kanaów spalin odsiarczonych (zimnych) kotów K-1
i K-2 Elektrociepowni nr 2 w Grupie Azoty Zakady Chemiczne Police
S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Roboty budowlane
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Grup Azoty Zakady Chemiczne Police
SA.
Kod NUTS PL425
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zawarty wSIWZ dostpnej na stronie [8]www.grupaazoty.com
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
44112000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Zawarty wSIWZ dostpnej na stronie [9]www.grupaazoty.com
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesicach: 8 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [10]www.grupaazoty.com
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [11]www.grupaazoty.com
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [12]www.grupaazoty.com
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [13]www.grupaazoty.com
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [14]www.grupaazoty.com
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
Zawarty w SIWZ dostpnej na stronie [15]www.grupaazoty.com
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena. Waga 80
2. Dowiadczenie. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
GZU/1170A/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpatne: nie
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
26.1.2016 - 14:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 90 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.1.2016 - 10:00
Miejscowo:
Police.
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.4.2)Skadanie odwoa
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Laborreagenzien - RO-Craiova
Laborreagenzien
Dokument Nr...: 18073-2016 (ID: 2016012009041656247)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
RO-Craiova: Laborreagenzien
2016/S 13/2016 18073
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Str. Tabaci nr. 1, Zu
Händen von: Daniela Dinescu , Craiova 200642, RUMÄNIEN. Telefon: +40
251502445. Fax: +40 251502445. E-Mail: it-suj@olteniaonline.ro
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
248-451280)
Betr.:
CPV:33696500
Laborreagenzien
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 15.1.2016 se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451280-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 20/01/2016 S13 - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Craiova: Reactivi de laborator
2016/S 013-018073
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Str. Tabaci nr. 1, În
atenia: Daniela Dinescu , Craiova 200642, ROMÂNIA. Telefon: +40
251502445. Fax: +40 251502445. E-mail: it-suj@olteniaonline.ro
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 23.12.2015,
[1]2015/S 248-451280)
În ceea ce privete:
CPV:33696500
Reactivi de laborator
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor
initiale in data de 15.1.2016 se va accesa detaliul anuntului original
consultand [2]www.e-licitatie.ro
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sicherheitssoftwarepaket - CZ-Prag
Sicherheitssoftwarepaket
Dokument Nr...: 18173-2016 (ID: 2016012009053656340)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
CZ-Prag: Sicherheitssoftwarepaket
2016/S 13/2016 18173
Vorinformation
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ministerstvo obrany eská republika
60162694
Tychonova 221/1
Kontaktstelle(n): Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OKIS
Zu Händen von: Zdeka Janotková
160 00 Praha 6
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 973215164
E-Mail: [3]zdenka.janotkova@army.cz
Fax: +420 973215101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://wwww.army.cz
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.tenderarena.cz
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
48730000
Beschreibung
Sicherheitssoftwarepaket .
References
3. mailto:zdenka.janotkova@army.cz?subject=TED
4. http://wwww.army.cz/
5. http://www.tenderarena.cz/
OT: 20/01/2016 S13 - - Dodávky - Pedbné oznámení bez výzvy
k úasti v souti - Nehodící se
eská republika-Praha: Balík program pro zabezpeení
2016/S 013-018173
Oznámení pedbných informací
Dodávky
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Ministerstvo obrany eská republika
60162694
Tychonova 221/1
Kontaktní místo: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OKIS
K rukám: Zdeka Janotková
160 00 Praha 6
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 973215164
E-mail: [5]zdenka.janotkova@army.cz
Fax: +420 973215101
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [6]http://wwww.army.cz
Adresa profilu kupujícího: [7]http://www.tenderarena.cz
Dalí informace lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
I.2)Druh veejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní i federální orgán vetn jejich
organizaních sloek
I.3)Hlavní pedmt innosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II.B: Pedmt zakázky (Dodávky nebo sluby)
II.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
Programové vybavení pro podporu komplexní správy uivatel, klasifikace
a bezpenosti dat.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnní
Dodávky
Praha.
Kód NUTS CZ010
II.3)Informace o rámcové smlouv
Oznámení se týká uzavení rámcové smlouvy: ne
II.4)Struný popis pedmtu a rozsahu i hodnoty dodávek nebo slueb:
Nákup programového vybavení sbliující kvalitu a správu dat, datové
politiky, ízení proces a ízení rizik v oblasti zpracování dat,
kterým se bude vykonávat aktivní kontrola nad procesy a metodami, a
který je vyadován pro maximální efektivitu a bezpenost.
uvete pedpokládanou hodnotu bez DPH: 30 743 800 CZK
ásti zakázky
Rozdlení zakázky na ásti: ne
II.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
48730000
II.6)Pedpokládané datum zahájení zadávacího ízení
II.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Dalí informace:
Odvodnní úelnosti veejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona .
137/2006 Sb.:
a) cílem veejné zakázky je dosaení aktivní kontroly nad procesy a
metodami a získání maximální efektivity a bezpenosti;
b) pedmtem veejné zakázky je uzavení smlouvy na dodávku
programového vybavení;
c) v pípad nerealizovatelnosti nákupu je riziko, e nebude moné
dostaten monitorovat a ídit správu dat, datové politiky systém,
ízení proces a rizik v oblasti zpracování dat informaních systém
rezortu, jejím prostednictvím je nutné vykonávat aktivní kontrolu nad
procesy a metodami, které jejich správci a administrátoi potebují pro
maximální efektivitu a bezpenost dat a informací v nich zpracovaných a
ukládaných;
d) pedpokládaný termín plnní je do 60 dn od podpisu kupní smlouvy.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky úasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Feuerwehrfahrzeuge - DE-Bad Homburg vor der Höhe
Feuerwehrfahrzeuge
Dokument Nr...: 18273-2016 (ID: 2016012009065656450)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
DE-Bad Homburg vor der Höhe: Feuerwehrfahrzeuge
2016/S 13/2016 18273
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Bad Homburg vor der Höhe Der Magistrat, Fachbereich Recht
Vergabestelle -
Bahnhofstraße 16-18
Zu Händen von: Olaf Lottko
61352 Bad Homburg vor der Höhe
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61721003030
E-Mail: [6]vergabestelle@bad-homburg.de
Fax: +49 61721003099
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.bad-homburg.de
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[8]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCS
IXRZ
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[9]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCS
IXRZ
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Feuerwache, Feuerwehrfahrzeug.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe Der Magistrat, Fachbereich
Bevölkerungsschutz, 61343 Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland.
NUTS-Code DE718
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Lieferung von zwei Wechselladefahrzeugen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34144210
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Lieferung von 2 Wechselladefahrzeugen.
Bei der geplanten Auftragsvergabe handelt es sich um die Lieferung von
2 Wechselladerfahrzeuge in Anlehnung an die DIN 14505 mit einer
Besatzung (1+1), gemäß allen in diesem Zusammenhang geltenden Normen,
der StVZO, sowie insbesondere DIN 14505-1 und Teil 5, DIN EN 1846-1 bis
-3, EDIN 14502-2, DIN 15004, BGI 610, BGV D8, EN 13001 sowie 9. GPGSGV.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.9.2016. Abschluss 30.12.2016
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: 3-Achs-LKW-Fahrgestell
1)Kurze Beschreibung
Lieferung von zwei 3-Achs-LKW-Fahrgestellen mit einer gelenkten
Vorderachse, einer Antriebsachse und einer gelenkten Nachlauflenkachse
zum nachträglichen Aufbau von 2 Wechselladeeinrichtungen mit Krananlage
und Hakenanlage.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34144210
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Fahrgestellaufbau
1)Kurze Beschreibung
Lieferung und Montage zweier Ladekräne sowie zwei
Abrollkipper/Wechselladereinrichtungen zur Montage auf zwei 3-Achser
LKW-Fahrgestellen.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34144210
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Keine.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Gem. Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs.
1 VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs.
2 VOL/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 7 EG Abs. 3 VOL/A), die in Form
anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, sind im
Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
HG-2016-0003
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 25.2.2016 - 00:00
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 10 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise:
Überweisung/Verrechnungsscheck. Erstattung: nein. Die Vergabeunterlagen
werden nur versandt oder herausgegeben, wenn der Nachweis über die
Einzahlung beigefügt ist bzw. vorgelegt wird. Bitte unbedingt als
Verwendungszweck angeben: Angabe Kassenzeichen: FAD 138211.IBAN: DE58
5125 0000 0001 0140 05BIC-Code: HELADEF1TSK.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
2.3.2016 - 14:15
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 15.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Fragen zu den Vergabeunterlagen können nur bis zum 24.2.2016 in
Textform unter [10]vergabestelle@bad-homburg.de gestellt werden. Danach
eingehende Fragen können nicht mehr beantwortet werden.
Mit dem Angebot sind Referenzen und eine technische Beschreibung
einzureichen. Nähere Angaben siehe Vergabeunterlagen.
Für Los 2 ist mit dem Angebot zusätzlich eine Zeichnung und eine
Gewichtsbilanz mit dem Angebot einzureichen. Nähere Angaben siehe
Vergabeunterlagen.
Nachr. HAD-Ref.: 16/497.
nachr. V-Nr/AKZ: HG-2016-0003.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude Wilhelminenstr. 1-3, Fristenbriefkasten Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
Antrag ist unzulässig, wenn Verstöße gegen Vergabevorschriften, die auf
Grund dieser Bekanntmachung (§107 Abs. 3 Nr. 2 GWB) oder in den
Vergabeunterlagen (§107 Abs. 3 Nr. 3 GWB) erkennbar sind, nicht bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.
Ergeht eine Mitteilung des Aufraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3
64278 Darmstadt
DEUTSCHLAND
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15.1.2016
References
6. mailto:vergabestelle@bad-homburg.de?subject=TED
7. http://www.bad-homburg.de/
8. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCSIXRZ
9. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=DC1TM9AZXGCSIXRZ
10. mailto:vergabestelle@bad-homburg.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Orthopädische Prothesen - RO-Bucuresti
Orthopädische Prothesen
Dokument Nr...: 18373-2016 (ID: 2016012009081956559)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
RO-Bucuresti: Orthopädische Prothesen
2016/S 13/2016 18373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
Kontaktstelle(n): Serviciul Achizitii Publice
Zu Händen von: ec. Daniela Dobos
050098 Bucuresti
RUMÄNIEN
Telefon: +40 213128104
E-Mail: [4]achizitiipublice.suub@gmail.com
Fax: +40 213180554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.suub.ro
Adresse des Beschafferprofils: [6]www.e-licitatie.ro
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33183200
Beschreibung
Orthopädische Prothesen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 798 000 RON
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1612
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SC Biomatrix System SRL
Sos. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc. 1, et. 6, ap. 24, camera 1
021344 Bucuresti
RUMÄNIEN
E-Mail: [7]biomatrixsystem@yahoo.com
Telefon: +40 722766871
Fax: +40 372877467
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 800 000 RON
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 798 000 RON
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 48
References
4. mailto:achizitiipublice.suub@gmail.com?subject=TED
5. http://www.suub.ro/
6. http://www.e-licitatie.ro/
7. mailto:biomatrixsystem@yahoo.com?subject=TED
OT: 20/01/2016 S13 - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaie
deschis
România-Bucuresti: Proteze ortopedice
2016/S 013-018373
Anun de atribuire a contractului
Produse
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenia: ec. Daniela Dobos
050098 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213128104
E-mail: [6]achizitiipublice.suub@gmail.com
Fax: +40 213180554
Adres (adrese) Internet:
Adresa general a autoritii contractante: [7]www.suub.ro
Adresa profilului cumprtorului: [8]www.e-licitatie.ro
I.2)Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principal
Sntate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului
Furnizare proteze cervico-cefalice tip Moore
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumprare
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Bucuresti, Spl. Independenteri nr. 169, sector 5.
Cod NUTS RO321
II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
dinamic (SAD)
Anunul implic încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Achizitionare proteze cervico-cefalica tip Moore.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
33183200
II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): da
II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
Valoare: 798 000 RON
Fr TVA
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschis
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
S-a organizat o licitaie electronic: nu
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
Anun de participare
Numrul anunului în JOUE: [9]2015/S 115-208165 din 17.6.2015
Seciunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 1612 Denumire: Furnizare proteze cervico-cefalice tip
Moore
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
12.1.2016
V.2)Informaii privind ofertele
Numrul de oferte primite: 4
V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
o decizie de atribuire a contractului
SC Biomatrix System SRL
Sos. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc. 1, et. 6, ap. 24, camera 1
021344 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [10]biomatrixsystem@yahoo.com
Telefon: +40 722766871
Fax: +40 372877467
V.4)Informaii privind valoarea contractului
Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
Valoare: 800 000 RON
Fr TVA
Valoarea total final a contractului:
Valoare: 798 000 RON
Fr TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numrul de luni: 48
V.5)Informaii privind subcontractarea
Este posibil subcontractarea: nu
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informaii suplimentare:
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor
ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in
vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de
documente care contin noi preturi. Autoritatea contractanta isi rezerva
dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in
cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012
acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.3)Ci de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [11]office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adres Internet: [12]http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 169, sector 5
050098 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213140015
Fax: +40 213140015
VI.4)Data expedierii prezentului anun:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Synthetische Fasern - FR-Aix-en-Provence
Synthetische Fasern
Dokument Nr...: 18473-2016 (ID: 2016012009090256653)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
FR-Aix-en-Provence: Synthetische Fasern
2016/S 13/2016 18473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Groupements de commandes
109 avenue du Petit Barthélémy, bâtiment administratif 2ème étage
Kontaktstelle(n): Groupement des commandes hôtelières
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
FRANKREICH
Telefon: +33 442161754
E-Mail: [4]groupement.hotelier@ch-montperrin.fr
Fax: +33 442161750
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.klekoon.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
19720000
Beschreibung
Synthetische Fasern.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
59251 Halluin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 32 441 EUR
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Groupe Pierre le Goff
rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
44860 Pont-Saint-Martin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 22 109 EUR
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Groupe Pierre le Goff
rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
44860 Pont-Saint-Martin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 375 EUR
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 820 EUR
Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 908 EUR
Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 52 733 EUR
Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lot déclaré infructueux
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 13 423 EUR
Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Compagnie Européenne D'Exportation
ZI La Marinière 14 rue Gutenberg
91070 Bondoufle
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 96 738 EUR
Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 14 076 EUR
Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 47 934 EUR
Los-Nr: 12
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lot déclaré sans suite
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:groupement.hotelier@ch-montperrin.fr?subject=TED
5. http://www.klekoon.com/
OT: 20/01/2016 S13 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Aix-en-Provence: Fibres synthétiques
2016/S 013-018473
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Groupements de commandes
109 avenue du Petit Barthélémy, bâtiment administratif 2ème étage
Point(s) de contact: Groupement des commandes hôtelières
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
FRANCE
Téléphone: +33 442161754
E-mail: [6]groupement.hotelier@ch-montperrin.fr
Fax: +33 442161750
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.klekoon.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Produits en non tisse et a usage unique.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Établissements adhérents au Groupement
(dépts 13, 26 et 84).
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Achat de produits en non tissé et à usage unique (blouse, masques, kit
pyjama, articles coiffants...).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
19720000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix
2. Valeur technique
3. Prestations accessoires a la vente
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: PNT.01 vêtements en non tissé
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
59251 Halluin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 32 441 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 2 - Intitulé: PNT.02 articles coiffants
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Groupe Pierre le Goff
rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
44860 Pont-Saint-Martin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 22 109 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 3 - Intitulé: PNT.03 kit visiteur non stérile
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Groupe Pierre le Goff
rue Nungesser et Coli, BP 03 Saint Aignan de Grand Lieu
44860 Pont-Saint-Martin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 1 375 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 4 - Intitulé: PNT.04 kit pyjama patient
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 avenue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 5 820 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 5 - Intitulé: PNT.05 kit opéré
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 4 908 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 6 - Intitulé: PNT.06 masques
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 52 733 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 7 - Intitulé: PNT.07 bavoirs pour adulte
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Lot déclaré infructueux
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 8 - Intitulé: PNT.08 surchaussures
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 13 423 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 9 - Intitulé: PNT.09 gant de toilette
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Compagnie Européenne D'Exportation
ZI La Marinière 14 rue Gutenberg
91070 Bondoufle
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 96 738 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 10 - Intitulé: PNT.10 tablier de protection
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
CA Diffusion
ZI de la Rouge Porte, 1 rue de Machelen
59250 Halluin
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 14 076 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 11 - Intitulé: PNT.11 rouleau pour table d'examen
V.1)Date d'attribution du marché:
7.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Paredes CSE
1 rue Michel Garnier, ZI Rousset BP 40
13106 Rousset Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 47 934 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 12 - Intitulé: PNT.12 Linge plat
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Lot déclaré sans suite
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n^o 15-135299, mise en ligne le 3.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung - PL-Krakau
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
Chirurgische Suturen
Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
Dokument Nr...: 18573-2016 (ID: 2016012009101656759)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
PL-Krakau: Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung
2016/S 13/2016 18573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Krakowie
ul. Wielicka 265
Zu Händen von: Maria Ggol
30-663 Kraków
POLEN
Telefon: +48 126583979
E-Mail: [4]zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.usdk.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33141100, 33141121, 33141120
Beschreibung
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
Chirurgische Suturen.
Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 3 286 618,30 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 397 262,64 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 393 236,64 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 188 819,84 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 169 942,16 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 172 774,80 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 167 763,60 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 110 647,20 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 110 647,20 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 164 481,60 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 158 556 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 142 600,80 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 140 580 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 178 292,40 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 179 204,40 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Beryl Med LTD
London W1F 7PP
VEREINIGTES KÖNIGREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 51 584 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 51 644 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 34 038,48 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 12 927,60 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 140 154,12 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 139 935,72 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 13
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
MADENS Maciej Marcinkowski
ul. Hetmaska 35/8
60-251 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 97 630,65 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 96 897,60 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 14
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 020,64 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 018,72 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 15
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 6 240 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 760 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 17
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 10 545,12 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 10 545,12 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 18
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 76 798,80 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 76 741,20 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 19
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 233 592,80 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 233 562,32 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 17 Los-Nr: 20
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 167 045,68 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 166 797,68 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 21
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 60 641,60 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 61 422,40 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 22
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 27 913,12 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 27 897,12 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 23
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 50 246,72 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 50 238,48 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 24
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 30 338,72 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 30 300,32 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
References
4. mailto:zp@usdk.pl?subject=TED
5. http://www.bip.usdk.pl/
OT: 20/01/2016 S13 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Kraków: Opatrunki, zaciski, szwy, podwizki
2016/S 013-018573
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Krakowie
ul. Wielicka 265
Osoba do kontaktów: Maria Ggol
30-663 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126583979
E-mail: [6]zp@usdk.pl
Faks: +48 126581081
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.usdk.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa materiaów szewnych 25 grup.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265.
Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiaów szewnych 25 grup
dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecicego w Krakowie.
3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Sownika Zamówie CPV: 33.14.11.00
opatrunki, zaciski, szwy podwizki, 33.14.11.21 szwy chirurgiczne,
33.14.11.20 zaciski, szwy, podwizki naczyniowe.
3.2. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawieraj FORMULARZE CENOWE
zacznik nr 3/1-3/25
3.3. Wymagany minimalny termin patnoci wynosi 60 dni.
3.4. Wymagany okres niezmiennoci cen jednostkowych netto podanych w
ofercie 12 miesicy.
3.5. Zmiana podatku VAT nastpuje z mocy prawa.
3.6. Przez wyroby medyczne, naley rozumie wyroby medyczne w
rozumieniu ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby
medyczne musz by dopuszczone do obrotu i uywania na zasadach
okrelonych w ustawie o wyrobach medycznych.
3.7. Wykonawca zobowizany jest do wskazania w ofercie czci
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych 25 grup.
Grupa 1. Szew syntetyczny, wchanialny, pleciony, monofilamentowy,
okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni, okres wchonicia 56-70 dni,
polimer kwasu glikolowego i mlekowego w proporcjach 9:1.
Grupa 2. Szew syntetyczny, niewchanialny, monofilamentowy,
polipropylenowy, wytwarzany z steroizomeru polipropylenu.
Grupa 3. Szew wchanialny, syntetyczny, plecion, powlekany, okres
podtrzymywania 10-14 dni, okres cakowitego wchonicia do 42 dni,
polimer kwasu glikolowego i mlekowego w proporcjach 9:1.
Grupa 4. Szew syntetyczny, niewchanialny, monofilamentowy,
poliamidowy.
Grupa 5. Szew syntetyczny, wchanialny, monofilamentowy, efektywny
okres podtrzymywania do 90 dni, okres wchaniana 182-238 dni.
Grupa 6. Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, efektywny
okres podtrzymywania 21-28 dni, okres wchaniana 90-120 dni, polimer
glikolidu i kaprolaktonu.
Grupa 7. Wchanialny jaowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 %
regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia
rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami
klinicznymi in vivo.
Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % regenerowanej, oksydowanej
celulozy (pochodzenia rolinnego). Posta wielowarstwowej wókniny,
wchanialny jaowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 %
regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gsto tkanej (pochodzenia
rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami
klinicznymi in vivo, Strukturalna, nieutkana nierozwarstwialna wóknina
hemostatyczna ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia
rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami
klinicznymi in vivo, Sterylny wosk kostny skadajcy si z mieszaniny
biaego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu.
Grupa 8. Klips naczyniowy do klipsownic typu liga clip, V-ksztatne
posiadajcy zewntrzna i wewntrzn rzeb, Klipsy naczyniowe o
ksztacie podkowy (przekrój w ksztacie serca) posiadajce zewntrzn i
wewntrzn rzeb, pakowane w magazynek po 4 szt. z tama
samoprzylepn, Stapler skórny zaadowany 35 zszywkami stalowymi
wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm, rozmiar zszywki przed zamkniciem
szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm.
Stapler skórny zaadowany 55 zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o
rednicy 0,5 mm, rozmiar zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm
wysoko 3,6 mm, Jednorazowy usuwacz do zszywek stalowych staplera
skórnego.
Grupa 9. Szew niewchanialny, naturalny, pleciony, impregnowany,
jedwabny.
Grupa 10. Podkadki pod wzy, niewchanialne z politetrafluroetylenu.
Grupa 11. Szew niewchanialny, powlekany i niepowlekany, pleciony i
monofilamentowy, poliestrowy.
Grupa 12. Elektrody nasierdziowe.
Grupa 13. Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchanialny, zbudowany
z poliwinylofluoroetylenu.
Grupa 14. Szwy monofilamentowe, niewchanialne, stalowe.
Grupa 15. Drut chirurgiczny, monofilamentowy, ze stali nierdzewnej,
niewchanialny, pakowane na prosto 4 szwy w saszetce.
Grupa 16. Szew wchanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, okres
podtrzymywania ok. 21 dni, okres wchonicia 56-70 dni.
Grupa 17. Szew wchanialny, pleciony powlekany, antybakteryjny, okres
wchonicia 56-70 dni, efektywny czas podtrzymywania 28-35 dni.
Grupa 18. Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, okres
podtrzymywania ok 21 dni, okres wchonicia 90-110 dni, wykonany z
glikolidu, dioksanonu i wglanu trimetylenu.
Grupa 19. Szew syntetyczny, wchanialny, pleciony, momofilamentowy,
okres podtrzymywania tkanki 28-35 dni (80 % w 2 tygodniu), okres
wchonicia 56-70 dni. Powleczenie mieszanina kopolimeru
kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.
Grupa 20. Szew niewchanialny, wykonany z polipropylenu z dodatkiem
glikolu polietylenowego.
Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
(kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu)
igy tnce.
Pozycja 25. Szwy powlekane, niewchanialne, niewchanilane,
monofilamentowe wytwarzane z polibutesteru (kopolimeru zoonego z
tereftalenu butylowego oraz glikolu eteru politetra-metylenowego.
Grupa 21. Szew wchanialny, syntetyczny, plecion, powlekany, okres
podtrzymywania 10-14 dni, okres cakowitego wchonicia do 40-50 dni,
poliester skadajcy si z glikolidu i laktydu. Powleczony miesznk
kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.
Grupa 22. Szew monofilamentowy, niewchanialny wykonany z
dugoacuchowych polimerów alifatycznych.
Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
(kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu)
igy tnce.
Grupa 23. Szew wchanialny, monofilamentowy, o potrzymaniu tkanki do 90
dni, (25 % w 6 tygodniu), wchanialny w 160-180 dni wykonany z
poliglikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i wglanu trójmetylenu).
Grupa 24. Poz. 3, 5-12 Szew wchanialny, syntetyczny,
monofilamentowy, okres podtrzymywania ok 21 dni, okres wchonicia
90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i wglanu trimetylenu.
Poz. 1-2,4 Szew wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, efektywny
okres podtrzymywania 10-14 dni (30-20 % w 10 dniu), okres wchaniania
56 dni.
Grupa 25. Szew niewchanialny, naturalny, pleciony, impregnowany,
jedwabny, powlekany silikonem lub mieszanin wosków.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
33141100, 33141121, 33141120
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 3 286 618,30 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Ocena walorów uytkowych. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
EZP-271-2/164/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 221-402455 z dnia 14.11.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Grupa 1. Szew syntetyczny,
wchanialny, pleciony, monofilamentowy, okres podtrzymywania tkanki
28-35 dni, okres wchonicia 56-70 dni, polimer kwasu glikolowego i
mlekowego w proporcjach 9:1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 397 262,64 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 393 236,64 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Grupa 2. Szew syntetyczny,
niewchanialny, monofilamentowy, polipropylenowy, wytwarzany z
steroizomeru polipropylenu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 188 819,84 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 169 942,16 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Grupa 3. Szew wchanialny,
syntetyczny, plecion, powlekany, okres podtrzymywania 10-14 dni, okres
cakowitego wchonicia do 42 dni, polimer kwasu glikolowego i
mlekowego w proporcjach 9:1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 172 774,80 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 167 763,60 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Grupa 4. Szew syntetyczny,
niewchanialny, monofilamentowy, poliamidowy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 110 647,20 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 110 647,20 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Grupa 5. Szew syntetyczny,
wchanialny, monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania do 90 dni,
okres wchaniana 182-238 dni
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 164 481,60 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 158 556 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Grupa 6. Szew wchanialny,
syntetyczny, monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania 21-28 dni,
okres wchaniana 90-120 dni, polimer glikolidu i kaprolaktonu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 142 600,80 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 140 580 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Grupa 7. Wchanialny jaowy
hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy
w formie gazy (pochodzenia rolinnego) o dziaaniu bakteriobójczym,
potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo, Hemostatyk powierzchniowy
wykonany z 100 % regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia
rolinnego). Posta wielowarstwowej wókniny, wchanialny jaowy
hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100 % regenerowanej, oksydowanej
celulozy w formie gsto tkanej (pochodzenia rolinnego) o dziaaniu
bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo,
Strukturalna, nieutkana nierozwarstwialna wóknina hemostatyczna ze 100
% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia rolinnego) o
dziaaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami klinicznymi in vivo,
Sterylny wosk kostny skadajcy si z mieszaniny biaego wosku
pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 178 292,40 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 179 204,40 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Grupa 8. Klips naczyniowy do
klipsownic typu liga clip, V-ksztatne posiadajcy zewntrzna i
wewntrzn rzeb, Klipsy naczyniowe o ksztacie podkowy (przekrój w
ksztacie serca) posiadajce zewntrzn i wewntrzn rzeb, pakowane w
magazynek po 4 szt. z tama samoprzylepn, Stapler skórny zaadowany 35
zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm, rozmiar
zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm Stapler skórny
zaadowany 55 zszywkami stalowymi wykonanymi z drutu o rednicy 0,5 mm,
rozmiar zszywki przed zamkniciem szer. 5,4 mm wysoko 3,6 mm,
Jednorazowy usuwacz do zszywek stalowych staplera skórnego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Beryl Med LTD
London W1F 7PP
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 51 584 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 51 644 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Cz nr: 10 - Nazwa: Grupa 10. Podkadki pod wzy,
niewchanialne z politetrafluroetylenu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 34 038,48 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 12 927,60 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Cz nr: 11 - Nazwa: Grupa 11. Szew niewchanialny,
powlekany i niepowlekany, pleciony i monofilamentowy, poliestrowy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 140 154,12 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 139 935,72 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Cz nr: 13 - Nazwa: Grupa 13. Szew syntetyczny,
monofilamentowy, niewchanialny, zbudowany z poliwinylofluoroetylenu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
MADENS Maciej Marcinkowski
ul. Hetmaska 35/8
60-251 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 97 630,65 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 96 897,60 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Cz nr: 14 - Nazwa: Grupa 14. Szwy monofilamentowe,
niewchanialne, stalowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 3 020,64 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 018,72 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Cz nr: 15 - Nazwa: Grupa 15. Drut chirurgiczny,
monofilamentowy, ze stali nierdzewnej, niewchanialny, pakowane na
prosto 4 szwy w saszetce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 6 240 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 5 760 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Cz nr: 17 - Nazwa: Grupa 17. Szew wchanialny,
pleciony powlekany, antybakteryjny, okres wchonicia 56-70 dni,
efektywny czas podtrzymywania 28-35 dni
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Iecka 24
02-135 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 10 545,12 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 10 545,12 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Cz nr: 18 - Nazwa: Grupa 18. Szew wchanialny,
syntetyczny, monofilamentowy, okres podtrzymywania ok. 21 dni, okres
wchonicia 90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i wglanu
trimetylenu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 76 798,80 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 76 741,20 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Cz nr: 19 - Nazwa: Grupa 19. Szew syntetyczny,
wchanialny, pleciony, momofilamentowy, okres podtrzymywania tkanki
28-35 dni (80 % w 2 tygodniu), okres wchonicia 56-70 dni. Powleczenie
mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo
wapniowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 233 592,80 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 233 562,32 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Cz nr: 20 - Nazwa: Grupa 20. Szew niewchanialny,
wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego. Szwy
monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru (kopolimer
tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu) igy tnce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 167 045,68 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 166 797,68 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Cz nr: 21 - Nazwa: Grupa 21. Szew wchanialny,
syntetyczny, plecion, powlekany, okres podtrzymywania 10-14 dni, okres
cakowitego wchonicia do 40-50 dni, poliester skadajcy si z
glikolidu i laktydu. Powleczony mieszank kopolimeru glikolidu i
laktydu oraz stearynianu wapnia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 60 641,60 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 61 422,40 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Cz nr: 22 - Nazwa: Grupa 22. Szew monofilamentowy,
niewchanialny wykonany z dugoacuchowych polimerów alifatycznych.
Szwy monofilamentowe, niewchanialne wykonane z polibutesteru
(kopolimer tereftalanu butylenu i glkolu etylowego politetrametylenu)
igy tnce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 27 913,12 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 27 897,12 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Cz nr: 23 - Nazwa: Szwy monofilamentowe,
niewchanialne wykonane z polibutesteru (kopolimer tereftalanu butylenu
i glkolu etylowego politetrametylenu) igy tnce. Grupa 23. Szew
wchanialny, monofilamentowy, o potrzymaniu tkanki do 90 dni, (25 % w 6
tygodniu), wchanialny w 160-180 dni wykonany z poliglikonatu
(kopolimer kwasu glikolowego i wglanu trójmetylenu)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 50 246,72 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 50 238,48 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Cz nr: 24 - Nazwa: Grupa 24. Poz.3, 5-12 Szew
wchanialny, syntetyczny, monofilamentowy, okres podtrzymywania ok 21
dni, okres wchonicia 90-110 dni, wykonany z glikolidu, dioksanonu i
wglanu trimetylenu. Poz. 1-2,4 Szew wchanialny, syntetyczny,
monofilamentowy, efektywny okres podtrzymywania 10-14 dni (30-20 % w 10
dniu), okres wchaniania 56 dni
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 30 338,72 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 30 300,32 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Bauwesen - FI-Helsinki
Dienstleistungen im Bauwesen
Dokument Nr...: 18673-2016 (ID: 2016012009110656859)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
FI-Helsinki: Dienstleistungen im Bauwesen
2016/S 13/2016 18673
Kansaneläkelaitos, PL 450, Hankintapalvelut, FI Helsinki 00101,
FINNLAND. E-Mail: hankintapalvelut@kela.fi
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
250-458231)
Betr.:
CPV:71500000
Dienstleistungen im Bauwesen
Anstatt:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
1.2.2016 (12:00)
muss es heißen:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Huom. Hankinnasta on julkaistu 23.12.2015 klo 9:23 hankintailmoitus nro
2015-029093, jota tällä ilmoituksella korjataan.
Korjattu tarjouspyyntöasiakirjoja ja ilmoituksen kohtaa IV.3.4
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika.
Korjaus koskee asiantuntijoille asetettuja referenssivaatimuksia.
Lisäksi tarjousaikaa on jatkettu 8.2.2016 klo 12:00 saakka.
Korjaukset on merkitty tarjouspyyntöasiakirjoihin punaisella värillä.
Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
8.2.2016 (12:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458231-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2016 S13 - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin
menettely
Suomi-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät palvelut
2016/S 013-018673
Kansaneläkelaitos, PL 450, Hankintapalvelut, FI Helsinki 00101, SUOMI.
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kela.fi
(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 26.12.2015, [1]2015/S
250-458231)
Viite:
CPV:71500000
Rakentamiseen liittyvät palvelut
Oikaistava tieto:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
1.2.2016 (12:00)
Oikaisu:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Huom. Hankinnasta on julkaistu 23.12.2015 klo 9:23 hankintailmoitus nro
2015-029093, jota tällä ilmoituksella korjataan.
Korjattu tarjouspyyntöasiakirjoja ja ilmoituksen kohtaa IV.3.4
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika.
Korjaus koskee asiantuntijoille asetettuja referenssivaatimuksia.
Lisäksi tarjousaikaa on jatkettu 8.2.2016 klo 12:00 saakka.
Korjaukset on merkitty tarjouspyyntöasiakirjoihin punaisella värillä.
Kelalla on Helsingin seudulla (Espoo, Helsinki, Vantaa, Sipoo,
Kirkkonummi, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää,
Mäntsälä, Vihti) neljä isompaa kiinteistöä ja 23 toimistoa. Vuosittain
Kela toteuttaa tällä alueella noin 1020 korjaus-, kunnossapito- ja
muutostyöhanketta, joiden hankekohtaiset kokonaiskustannukset
vaihtelevat 10 0001 500 000 EUR:n välillä.
Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Kelan käyttöön alueellinen
puitejärjestely, johon valittavat palveluntuottajat tuottavat
rakennuttamispalvelua edellä kuvattuihin Helsingin seudulla
toteutettaviin Kelan hankkeisiin.
Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
8.2.2016 (12:00)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Wejherowo
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 1873-2016 (ID: 2016010509090339203)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
PL-Wejherowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
2016/S 2/2016 1873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo Wejherowo
ul. Sobieskiego 247 B
Zu Händen von: Karol Miloch, Kazimierz Korzeniewski
84-200 Wejherowo
POLEN
Telefon: +48 586729801
E-Mail: [4]wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +48 586729800
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77200000
Beschreibung
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 8 976 556,90 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm, które tworz: Zakad Usug Lenych Chynowo Wiesaw
Lubiewski z siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 Lider
Konsorcjum oraz Zakad Usug Lenych Chynowo Elbieta Lubiewska z
siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 i Karpina Kazimierz
Pobocki z siedzib w Rozazinie nr 96A, 84-219 Rozazino
ul. Rogali 37
84-200 Wejherowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 6 351 949,28 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 257 030,20 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm, które tworz: Usugi Lene Mirosaw Maaszycki z
siedzib w Kbowie oraz Usugi Lene Krystian Maaszycki z siedzib w
Kbowie
ul. Wiejska 28, Kbowo
84-242 Luzino
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 7 079 516,16 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 719 526,70 PLN
ohne MwSt
References
4. mailto:wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl?subject=TED
5. http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl/
OT: 05/01/2016 S2 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Wejherowo: Usugi lenictwa
2016/S 002-001873
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo Wejherowo
ul. Sobieskiego 247 B
Osoba do kontaktów: Karol Miloch, Kazimierz Korzeniewski
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586729801
E-mail: [6]wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
Faks: +48 586729800
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej:
[7]http://www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
Nadlenictwo Wejherowo
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: gospodarka lena
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
Wejherowo w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Teren Nadlenictwa Wejherowo.
Kod NUTS PL634
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usug z zakresu gospodarki lenej
na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016 zgodnie z okreleniem w
art. 6 ust. 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014
r., poz. 1153 z pó. zm.) polegajce m.in. na: pozyskaniu drewna,
zrywce drewna, odnowieniach i zalesieniach, poprawkach i
uzupenieniach, przygotowaniu i pielgnacji gleby, czyszczeniach
wczesnych, czyszczeniach pónych, melioracjach agrotechnicznych,
pracach zwizanych z nasiennictwem i szkókarskich, ochronie lasu,
turystycznym zagospodarowaniem lasu, ochronie przyrody, pracach
zwizanych z ochron przeciwpoarow, pozyskaniem choinek i stroiszu,
utrzymaniem i konserwacj dróg, ma retencj,gospodarowaniem
zwierzyn, utrzymywaniu istniejcych obiektów i wykonywaniu biecych
zada z edukacji lenej.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia dla czci zamówienia (pakietu)
nr I zacznik nr 1a.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia dla czci zamówienia (pakietu)
nr II zacznik nr 1b.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia dotyczcy czci zamówienia (pakietu)
nr I i II zacznik nr 1c.
Cz zamówienia (pakiet) nr I W lenictwach: Starzyno, Domatowo,
Mechowo, Darlubie, Jastarnia, Lisewo oraz Gospodarstwie Szkókarskim i
Orodku Hodowli Zwierzyny.
Cz zamówienia (pakiet) nr II W lenictwach: Sobieczyce, Pianica,
Rybno, Kpino, Orle, Nanice, Sawutówko i Orodku Edukacji
Przyrodniczo-Lenej Muza.
Wykonawca moe zoy ofert na dowoln ilo czci zamówienia
(pakietów).
Czci nie mog by dzielone przez Wykonawców na dalsze, inne czci
zamówienia ni opisane w SIWZ, oferty nie zawierajce penego zakresu
przedmiotu zamówienia okrelonego w zadaniu czciowym zostan
odrzucone.
Zamawiajcy uzna ofert za zoon poprawnie, jeeli bdzie ona
obejmowa cay zakres przewidziany dla danej czci zamówienia
(pakietu), na któr skada Wykonawca ofert a zostay opisane w SIWZ.
W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu
Zamawiajcy rozlicza si bdzie w oparciu o faktycznie wykonane i
odebrane protokolarnie prace oraz ceny jednostkowe zadeklarowane w
Formularzach Cenowych.
Lokalizacj prac jest obszar cz zamówienia (pakiet).
Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo ograniczenia prac do wykonania
wskazanych w szczegóowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowicym
zaczniki nr 1a i 1b do SIWZ, co do ich rodzaju i iloci w trakcie
realizacji umowy w wysokoci nieprzekraczajcej 25 % ceny umownej, z
uwagi na faktyczn sytuacje przyrodnicz, która moe zaistnie w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, a take warunki pogodowe,
nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarcz, uzasadniony interes
gospodarczy Zamawiajcego i inne niemoliwe do przewidzenia sytuacje.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dokonywania korekt zmniejszajcych
lub zwikszajcych, ustale nowych lokalizacji w obrbie czci
zamówienia, co nie oznacza wprowadzania nowych prac nie objtych
zakresem zamówienia podstawowego w ramach wartoci brutto przedmiotu
zamówienia. Dokonanie korekty, jak i wstrzymanie wykonania czynnoci
moe nastpi równie w sytuacji, gdy wykonanie prac okazao si
niemoliwe lub bezzasadne. Zmiana lokalizacji moe dotyczy caoci lub
czci zakresu czynnoci wskazanego dla lokalizacji pierwotnej.
W zwizku z ograniczeniem rozmiaru przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w pkt. 3.9 i 3.10 Wykonawcy nie bd przysugiwa adne roszczenia w
stosunku do Zamawiajcego.
W przypadku opisu przedmiotu zamówienia w zacznikach do SIWZ nr 1a,
1b i 1c przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
Zamawiajcy dopuszcza moliwo zastosowania materiaów i urzdze
równowanych. Za równowane Zamawiajcy uzna materiay i urzdzenia
dopuszczone dostosowania w lenictwie takie, które speniaj wymagania
w stopniu nie gorszym ni okrelone w opisie. Wykonawca przed zoeniem
oferty ma obowizek sprawdzi zakres i rodzaj prac ze szczegóowym
opisem przedmiotu zamówienia i uwzgldni powysze w oferowanej cenie.
Zamawiajcy nie przewiduje wymaga, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy Pzp.
Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Przedmiotem niniejszego postpowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziau w postpowaniu.
Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
W postpowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do audytowania danych zawartych w
owiadczeniach zoonych w ofercie Wykonawcy oraz sposobu realizacji
umowy, przez podmiot zewntrzny na koszt Zamawiajcego, ze szczególnym
uwzgldnieniem przepisów prawa pracy oraz ochrony rodowiska
(gospodarka odpadami, stosowanie olei biodegradowalnych). Wykonawca
wyraa zgod na przeprowadzenie audytu w zakresie i terminie okrelonym
przez Zamawiajcego.
Wykonawca moe powierzy realizacje czci przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykona
przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na umow o prac,
Wykonawca gwarantuje, e osoby wykonujce przedmiot zamówienia bd
zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowizek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o prac dotyczy równie realizacji
zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Opcjonalnie Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w opisie
przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest
zobowizany do zlecenia prac objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy
nie suy roszczenie o ich zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji
mog zosta zlecone na warto do 25 % wartoci przedmiotu zamówienia
okrelonej zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy stanowicego zacznik nr
12 do SIWZ.
Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokoci do 50 % wartoci
zamówienia podstawowego, polegajcych na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówienia. Zamówienia uzupeniajce bd polega na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia opisanego odpowiednio dla
kadej czci niniejszego postpowania, na terenie objtym odpowiednio
dla kadej z opisanych czci postpowania. Rodzaje prac, których
zamawiajcy przewiduje jako uzupeniajce s opisane w opisie
przedmiotu zamówienia i ofercie wykonawcy dotyczcej niniejszego
postpowania. Podstaw ustalenia wynagrodzenia dotyczcego zamówie
uzupeniajcych bd stawki zaproponowane przez wykonawc w jego
ofercie.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
77200000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 8 976 556,90 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Spenienie standardu RPL. Waga 20
3. Aspekty spoeczne. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
ZG.270.137.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 218-398258 z dnia 11.11.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usug z zakresu
gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016
Pakiet I
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm, które tworz: Zakad Usug Lenych Chynowo Wiesaw
Lubiewski z siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 Lider
Konsorcjum oraz Zakad Usug Lenych Chynowo Elbieta Lubiewska z
siedzib w Wejherowie 84-200, ul. Rogali 37 i Karpina Kazimierz
Pobocki z siedzib w Rozazinie nr 96A, 84-219 Rozazino
ul. Rogali 37
84-200 Wejherowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 6 351 949,28 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 257 030,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Proporcja: 28,78 %
Krótki opis wartoci/czci zamówienia, które bdzie zlecone
podwykonawcom: Cz prac z pozyskania drewna, zrywki oraz
zagospodarowania lasu.
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usug z zakresu
gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa Wejherowo w roku 2016
Pakiet nr II
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm, które tworz: Usugi Lene Mirosaw Maaszycki z
siedzib w Kbowie oraz Usugi Lene Krystian Maaszycki z siedzib w
Kbowie
ul. Wiejska 28, Kbowo
84-242 Luzino
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 7 079 516,16 EUR
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 719 526,70 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Warto bez VAT 944 398 PLN
Krótki opis wartoci/czci zamówienia, które bdzie zlecone
podwykonawcom: Cz praz z zakresu pozyskania, zrywki drewna, koszenia
upraw, czyszcze wczesnych, czyszcze pónych, sadzenia wielolatek w
jamk.
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Przezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón. zm.) czynnoci
Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
podstawie ustawy.
Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy Prawo
zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón.
zm.),zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
odwoania.
Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i Zamawiajcy móg
zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu do jego
wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed upywem
terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w
art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z pón. zm.).
Odwoanie wnosi si w terminach okrelonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pón. zm.).
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzad Zamówie Publicznych Prezes Krajowej Izby Odowawczej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik - SE-Karlshamn
Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik
Bau von Bühnen
Dienstleistungen von Tontechnikern
Dokument Nr...: 18773-2016 (ID: 2016012009121556951)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
SE-Karlshamn: Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik
2016/S 13/2016 18773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Karlshamns kommun
Rådhuset
Zu Händen von: Nina Östensson
SE-374 81 Karlshamn
SCHWEDEN
E-Mail: [4]nina.ostensson@karlshamn.se
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71318100, 45237000, 92370000
Beschreibung
Dienstleistungen für Lichttechnik und Tageslichttechnik.
Bau von Bühnen.
Dienstleistungen von Tontechnikern.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
24.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:nina.ostensson@karlshamn.se?subject=TED
OT: 20/01/2016 S13 - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Karlshamn: Ljustekniska tjänster
2016/S 013-018773
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Karlshamns kommun
Rådhuset
Att: Nina Östensson
SE-374 81 Karlshamn
SVERIGE
E-post: [6]nina.ostensson@karlshamn.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
kontaktpunkt(er)
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Scen, ljud och ljus till Östersjöfestivalen.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Karlshamn.
NUTS-kod SE221
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Under en sommarvecka i Juli presenterar skärgårdsstaden Karlshamn
Östersjöfestivalen. Festivalen har arrangerats varje år sedan 1966. Då
bjuder staden på folkfest i kolossalformat Karlshamn Baltic Festival,
Östersjöfestivalen. Varje år och alltid vecka 29.
De senaste åren har närmare en kvarts miljon besökare invaderat
Karlshamns gator och torg under festivaldagarna i Juli. Festivalen
tillhör en av de största gratisfestivalerna i Sverige.
Serveringstälten är ett uppskattat inslag i festivalbilden, liksom
trubadurer, jazzband och sambaorkestrar. För att inte tala om
karnevalståget. Ett Rio á la Karlshamn.
I Baltic Song Contest, Östersjöns egen melodifestival, tävlar artister
från hela Europa.
Det går att beskriva festivalen på lika många sätt som den har
besökare. Men har du besökt festivalen i Karlshamn minns du säkert
dofterna från högblom och stekt sill, musiken på bakgårdarna och
gågatorna, de lättklädda nätterna, marknadsgycklet, kulturkvarteren och
hamnen, lätts ...
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
71318100, 45237000, 92370000
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen: Förlängningsoption.
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 3
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
27986
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
24.2.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Visma Commerce-annons: [7]http://www.opic.com/notice.asp?req=dildjtmg
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - UK-London
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dokument Nr...: 18873-2016 (ID: 2016012009130957064)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
UK-London: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
2016/S 13/2016 18873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Trustees of the Imperial War Museum
Lambeth Road
Zu Händen von: Chris Cast
SE1 6HZ London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2070913060
E-Mail: [4]ccast@iwm.org.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.iwm.org.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79800000
Beschreibung
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 12.2.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
19.2.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:ccast@iwm.org.uk?subject=TED
5. http://www.iwm.org.uk/
OT: 20/01/2016 S13 - - Services - Contract notice - Restricted
procedure
United Kingdom-London: Printing and related services
2016/S 013-018873
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Trustees of the Imperial War Museum
Lambeth Road
For the attention of: Chris Cast
SE1 6HZ London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2070913060
E-mail: [6]ccast@iwm.org.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.iwm.org.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: national museum
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
IWM Guidebook Print Framework Contract.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 15: Publishing and printing services on a fee or
contract basis
NUTS code UKI
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Printing and related services. This Contract covers the appointment, on
a framework contract, of a sole print supplier to print the official
guidebooks for all 5 public branches of IWM: IWM London; Churchill War
Rooms; HMS Belfast; IWM Duxford, Cambridge and IWM North, Trafford,
Manchester.
The current projected annual sales figures across all 5 branches Is 150
000 guidebooks. However, these are projected figures, and IWM makes no
commitment that it will place orders for guidebooks to this total in
any contract year period.
The Contract is to run for an initial period of 1 year from 1.6.2016
until 31.5.2017, with the option to extend for up to an additional 2
further years.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
79800000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
This Contract covers the printing of approx. 150 000 Museum guidebooks
for sale across the 5 public sites of the Museum. Volumes are dependent
upon visitor numbers. Each Guidebook is to be provided as follows:
Size: 228x190 mm portrait.
Extent: 64pp+4pp covers.
Materials: Cover section on 350 gsm Essential Velvet FSC, Text sections
on 150 gsm Essential Velvet FSC. Essential Velvet is our preferred
paper stock, but if you wish to suggest an alternative FSC certified
product that is a close match, please include full details of the paper
specification, and both a plain unprinted dummy made up to the
guidebook specification, and a printed sample.
Colours: Sheet fed litho print, 4/4 and sealer throughout.
Origination: High resolution print-ready PDFs will be supplied or if
preferred, open In-design files plus all linked images and fonts can be
supplied.
Proofing: Full set of digitally printed Epson colour proofs to IWM
London
Finishing: PUR BIND. Matt laminate to outer covers, pack.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 400 000 and 600 000 GBP
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: The initial contract is for 12 months,
but with an option to extend for an additional 24 months.
Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.6.2016. Completion 31.5.2017
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Not applicable.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
Envisaged number of operators: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: All
selection criteria are contained in the PQQ documentation available
upon request.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IWM/Des/1308
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 12.2.2016
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.2.2016 - 14:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
3.3.2016
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
The contracting authority considers that this contract may be suitable
for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs).
However, any selection of tenderers will be based solely on the
criteria set out for the procurement.
To view this notice, please click here:
[8]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=18430
6660
GO Reference: GO-2016118-PRO-7595705.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: IWM will
incorporate a minimum of 10 calendar days standstill period at the
point information on the award of the contract is communicated to
tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further
debriefing from IWM before the contract is entered into.
Applicants have 2 working days from notification of the award decision
to request additional debriefing and that information has to be
provided a minimum of 3 working days before expiry of the standstill
period. Such additional should be requested from the address in section
I.1).
If an appeal regarding the award of a contract has not been
successfully resolved the Public Sector Public Contracts Regulations
2006 (SI 2006 No. 5) provide for aggrieved parties who have been harmed
or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the
High Court (England, Wales and Northern Ireland. Any such action must
be brought promptly (generally within 3 months).
Where a contract has not been entered into the court may order the
settling of the award decision or order IWM to amend any document and
may award damages. if the contract has been entered into the court may
only award damages.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - NL-Moordrecht
Gebäudereinigung
Dokument Nr...: 18973-2016 (ID: 2016012009143457167)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
NL-Moordrecht: Gebäudereinigung
2016/S 13/2016 18973
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Cyclus NV
17681849
Oostbaan 1090
Zu Händen von: Ruud van der Helm
2841ML Moordrecht
NIEDERLANDE
Telefon: +31 182547500
E-Mail: [4]inkoop@cyclusnv.nl
Fax: +31 182547557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cyclusnv.nl
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73026
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73026
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90911200
Beschreibung
Gebäudereinigung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 20.2.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
26.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Niederländisch.
References
4. mailto:inkoop@cyclusnv.nl?subject=TED
5. http://www.cyclusnv.nl/
6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73026
7. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73026
OT: 20/01/2016 S13 - - Diensten - Aankondiging van een opdracht -
Openbare procedure
Nederland-Moordrecht: Reiniging van gebouwen
2016/S 013-018973
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Cyclus NV
17681849
Oostbaan 1090
Ter attentie van: Ruud van der Helm
2841ML Moordrecht
NEDERLAND
Telefoon: +31 182547500
E-mail: [6]inkoop@cyclusnv.nl
Fax: +31 182547557
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.cyclusnv.nl
Elektronische toegang tot informatie :
[8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73026
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
[9]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73026
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Milieu
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Schoonmaak en glasbewassing.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 14: Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en
het beheer van onroerende goederen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Moordrecht.
NUTS-code NL
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdrachtgever wil met 1 partij een overeenkomst afsluiten voor het
uitvoeren van schoonmaakdiensten in de bedrijfspanden van waaruit
Cyclus opereert. Het gaat in dit verband om het hoofdkantoor van Cyclus
in Moordrecht en enkele kleinere locaties in Gouda en in Alphen aan den
Rijn.
Deze overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, aanvangende op
1.4.2016. De overeenkomst kan na 2 jaar 2 keer 1 jaar eenzijdig worden
verlengd door de aanbestedende dienst.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
90911200
II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Hoofdgebouw: vloeroppervlak 3 800 m² (kantoorwerkplekken,
bedrijfsrestaurant, kleedruimten buitendienst) glasoppervlak 1 679 m².
6 kleinere locaties met een vloeroppervlak van 10-50 m².
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: De dienstverlening wordt afgesloten voor
een periode van 2 jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijk om eenzijdig
het contract te verlengen met 2 maal 1 jaar.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten,
geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 1.4.2016. Voltooiing 31.3.2018
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
inlichtingen
III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Eis: Geen crimineel verleden.
Beschrijving:
De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die
kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2,
eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad,
(PbEG 1998, L 351);
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van
26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van
Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C
316);
d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr.
91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166)
zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement
en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder
geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a,
178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis,
420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden.
Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel
van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van
de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar,
aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
Eis: NEN-EN-ISO 9001.
Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit.
Bewijsstuk: Technische uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen.
Toelichting op bewijsstuk: Afschrift van ISO certificering.
Eis: OSB lidmaatschap.
Toelichting op bewijsstuk: Bewijs van lidmaatschap van de
branchevereniging Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en
Bedrijfsdiensten.
Eis: Referentie.
Wetsverwijzing: Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar.
Bewijsstuk: Referenties.
Eventuele minimumeisen:
Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit.
Bewijsstuk: Technische uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen.
Beschrijving: De inschrijver dient minimaal 1 referentie te overleggen
om aan te tonen over de vereiste competenties te beschikken.
Voorwaarden waar de referentie aan dient te voldoen:
a. duur van de opdracht dient minimaal 12 maanden te bedragen;
b. de einddatum van de opdracht dient te liggen na 31.12.2013;
c. de omvang van de opdracht dient minimaal 3 500 m² te bedragen
(vloeroppervlak).
Wetsverwijzing: Leveringen/diensten afgelopen 3 jaar.
Bewijsstuk: Referenties.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep
voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het
personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt
belast: neen
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande
criteria
1. Criterium: EMVI. Beschrijving: 40 % prijs, 60 % kwaliteit.
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
SCHOONMAAK2016
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Vooraankondiging
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [10]2016/S 010-013482 van
15.1.2016
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang
tot documenten: 20.2.2016 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen
26.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26.2.2016 - 13:00
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Personensonderbeförderung (Straße) - PT-Marinha Grande
Personensonderbeförderung (Straße)
Dokument Nr...: 19073-2016 (ID: 2016012009155857270)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
PT-Marinha Grande: Personensonderbeförderung (Straße)
2016/S 13/2016 19073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, SA
Rua Pereira Crespo
Kontaktstelle(n): TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
Unip., SA
Zu Händen von: Fátima Cardoso
2430-243 Marinha Grande Marinha Grande
PORTUGAL
E-Mail: [4]geral@tumg.pt
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60130000
Beschreibung
Personensonderbeförderung (Straße).
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 238 169,16 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 04/TUMG/2015
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Rodoviária do Tejo, SA
Rua do Nogueiral, Edifício Galinha
2350-413 Torres Novas
PORTUGAL
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 238 169,16 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:geral@tumg.pt?subject=TED
OT: 20/01/2016 S13 - - Serviços - Anúncio de adjudicação - Concurso
público
Portugal-Marinha Grande: Serviços de transporte rodoviário de
passageiros com finalidade específica
2016/S 013-019073
Anúncio de adjudicação de contrato
Serviços
Directiva 2004/18/CE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, SA
Rua Pereira Crespo
Ponto(s) de contacto: TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM
Unip., SA
À atenção de: Fátima Cardoso
2430-243 Marinha Grande Marinha Grande
PORTUGAL
Correio electrónico: [6]geral@tumg.pt
I.2)Tipo de autoridade adjudicante
Outro: Empresa Municipal Unipessoal, SA
I.3)Actividade principal
Outra: transporte de passageiros em veículos automóveis pesados de
passageiros
I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
adjudicantes
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1)Descrição
II.1.1)Título atribuído ao contrato
04/TUMG/2015 Transporte urbano de passageiros em veículos automóveis
pesados de passageiros, com cobrança e emissão de bilhetes.
II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
prestação dos serviços
Serviços
Categoria de serviços n.º 2: Serviços de transporte terrestre (2),
incluindo serviços de veículos blindados e serviços de entregas, com
excepção do transporte do correio
Código NUTS
II.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição
Dinâmico (SAD)
II.1.4)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
Transporte urbano de passageiros em veículos automóveis pesados de
passageiros, com cobrança e emissão de bilhetes.
II.1.5)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
60130000
II.1.6)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
II.2)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
II.2.1)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
Valor: 238 169,16 EUR
Sem IVA
Secção IV: Procedimento
IV.1)Tipo de procedimento
IV.1.1)Tipo de procedimento
Concurso público
IV.2)Critérios de adjudicação
IV.2.1)Critérios de adjudicação
Preço mais baixo
IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
Foi efectuado um leilão electrónico: não
IV.3)Informação administrativa
IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
adjudicante
04/TUMG/2015
IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Anúncio de concurso
Número do anúncio no JOUE: [7]2015/S 199-361633 de 14.10.2015
Secção V: Adjudicação do contrato
Contrato n.º: 04/TUMG/2015
V.1)Data da decisão de adjudicação do contrato:
V.2)Informação sobre as propostas
V.3)Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de
adjudicação do contrato
Rodoviária do Tejo, SA
Rua do Nogueiral, Edifício Galinha
2350-413 Torres Novas
PORTUGAL
V.4)Informação sobre o valor do contrato
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 238 169,16 EUR
Sem IVA
V.5)Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: não
Secção VI: Informação complementar
VI.1)Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por
fundos da União Europeia: não
VI.2)Informação complementar:
VI.3)Procedimentos de recurso
VI.3.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
VI.3.2)Interposição de recursos
VI.3.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
interposição de recursos
VI.4)Data de envio do presente anúncio:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen - NL-Zwolle
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 19173-2016 (ID: 2016012009165757371)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
NL-Zwolle: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
2016/S 13/2016 19173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gemeente Ermelo p/a PSI
56341363
Wipstrikkerallee 95
Zu Händen von: Milan Darius
8023 DW Zwolle
NIEDERLANDE
Telefon: +31 383031622
E-Mail: [4]aanbestedingen@psi-inkoop.nl
Internet-Adresse(n):
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[5]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=72986
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90510000 - AB24
Beschreibung
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stichting Sympany
Postbus 40275
3504 AB Utrecht
NIEDERLANDE
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:aanbestedingen@psi-inkoop.nl?subject=TED
5. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=72986
OT: 20/01/2016 S13 - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
procedure
Nederland-Zwolle: Afvalverzameling en verwerking
2016/S 013-019173
Aankondiging van een gegunde opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Gemeente Ermelo p/a PSI
56341363
Wipstrikkerallee 95
Ter attentie van: Milan Darius
8023 DW Zwolle
NEDERLAND
Telefoon: +31 383031622
E-mail: [6]aanbestedingen@psi-inkoop.nl
Internetadres(sen):
Elektronische toegang tot informatie :
[7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=72986
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
EA inzameling en verwerking textiel Regio Noord-Veluwe.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 16: Riolering en vuilnisophaaldiensten;
afvalverwerking en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Nederland.
NUTS-code NL
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de inzameling
en verwerking van textiel afkomstig uit de deelnemende gemeenten van de
Regio Noord-Veluwe.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
90510000 - AB24
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Criterium: prijs. Beschrijving: inschrijver dient prijzen op te
geven voor de lediging van textielcontainers en de huis-aan-huis
inzameling van textiel en een vergoeding voor verwerking en afzet. Zie
bijlage 7 prijsformulier van het beschrijvend document. Weging 35
2. Criterium: kwaliteit. Beschrijving: G.2 Regionale aanpak SROI (max.
40 punten). Opdrachtgever wenst dat inschrijver in een plan van aanpak
de mogelijkheden binnen deze raamovereenkomst in bijvoorbeeld de
inzameling, de sortering en/of in de vermarkting (lokale verkooppunten)
inzichtelijk maakt. De deelnemende gemeenten zijn hierbij op zoek naar
kansen voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden en jongeren uit de regio.
Opdrachtgever is met name op zoek naar concrete en meetbare
toezeggingen en initiatieven. G.3 Uitvoeringsplan (max. 20 punten).
Inschrijver dient een plan van aanpak in waar uit blijkt hoe de
opdracht zo optimaal mogelijk zal worden uitgevoerd. Hierbij zullen in
ieder geval onder andere de volgende zaken aan bod komen: de wijze
waarop inschrijver voorstelt om de 900 ton textiel die nu nog jaarlijks
in het huishoudelijk restafval zit fors te verkleinen; de wijze
waarop u omgaat met afbreukrisico's en kansen; de manier waarop u
ervoor zorgt dat de containers steeds op tijd worden geleegd, zodat ze
altijd beschikbaar zijn voor de inwoners. G.4 Duurzaamheid.
Opdrachtgever wenst dat opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp
van de inzet van voertuigen die het milieu zo min mogelijk belasten
(minimaal Euro V conform programma van eisen). Inschrijver geeft het
laagste niveau van brandstofkeuze aan waarmee hij gegarandeerd de
transporten (bij opdracht) gaat uitvoeren. Vereisten: zie beschrijvend
document. Weging 65
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
00667
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [8]2015/S 142-262114 van
25.7.2015
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Titel: EA inzameling en verwerking textiel Regio
Noord-Veluwe
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30.11.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Stichting Sympany
Postbus 40275
3504 AB Utrecht
NEDERLAND
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Betriebsprüfung - LV-Riga
Betriebsprüfung
Dokument Nr...: 19273-2016 (ID: 2016012009182357473)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
LV-Riga: Betriebsprüfung
2016/S 13/2016 19273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
AS Latvijas valsts mei
Vaiodes iela 1
Kontaktstelle(n): AS Latvijas valsts mei
Zu Händen von: Santa Langua
Rga, LV-1004
LETTLAND
Telefon: +371 67610015
E-Mail: [4]s.langusa@lvm.lv
Fax: +371 67805430
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.lvm.lv
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.lvm.lv
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79212000
Beschreibung
Betriebsprüfung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 87 500 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SIA Ernst & Young Baltic
Muitas iela 1
Rga, LV-1010
LETTLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 87 500 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 87 500 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:s.langusa@lvm.lv?subject=TED
5. http://www.lvm.lv/
6. http://www.lvm.lv/
OT: 20/01/2016 S13 - - Pakalpojumi - Paziojums par lguma slganas
tiesbu pieiranu - Atklta procedra
Latvija-Rga: Revzijas pakalpojumi
2016/S 013-019273
Paziojums par lguma slganas tiesbu pieiranu
Pakalpojumi
Direktva 2004/18/EK
I iedaa: Lgumsldzja iestde
I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
AS Latvijas valsts mei
Vaiodes iela 1
Kontaktpunkts(-i): AS Latvijas valsts mei
Kontaktpersona(-as): Santa Langua
Rga, LV-1004
LATVIJA
Tlrunis: +371 67610015
E-pasts: [6]s.langusa@lvm.lv
Fakss: +371 67805430
Interneta adrese(-s):
Lgumsldzjas iestdes galven adrese: [7]http://www.lvm.lv
Pircja profila adrese: [8]http://www.lvm.lv
I.2)Lgumsldzjas iestdes veids
Cita: akciju sabiedrba
I.3)Galven darbbas joma
Cita: mesaimniecba
I.4)Lguma slganas tiesbu pieirana citu lgumsldzju iestu
vrd
Lgumsldzja iestde veic iepirkumu citu lgumsldzju iestu vrd:
n
II iedaa: Lguma priekmets
II.1)Apraksts
II.1.1)Lgumam pieirtais nosaukums
Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu AS Latvijas valsts mei
finanu prskata revzijai.
II.1.2)Lguma veids un bvdarbu veikanas, piegdes vai pakalpojumu
snieganas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 9: Grmatvedbas, revzijas un uzskaites
pakalpojumi
Galven bvdarbu veikanas vieta, piegdes vai pakalpojumu snieganas
vieta: Rga.
NUTS kods LV006
II.1.3)Informcija par visprgo vienoanos vai dinamisko iepirkumu
sistmu (DIS)
II.1.4)ss lguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu AS Latvijas valsts mei
finanu prskata revzijai.
II.1.5)Kopj publisk iepirkuma vrdnca (CPV)
79212000
II.1.6)Informcija par Valsts iepirkuma nolgumu (GPA)
Lgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolgums (GPA): j
II.2)Lguma(-u) kopj galg vrtba
II.2.1)Lguma(-u) kopj galg vrtba
Vrtba: 87 500 EUR
Bez PVN
IV iedaa: Procedra
IV.1)Procedras veids
IV.1.1)Procedras veids
Atklta
IV.2)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
IV.2.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
Saimnieciski visizdevgkais piedvjums saska ar
IV.2.2)Informcija par elektronisko izsoli
Ir piemrota elektronisk izsole: n
IV.3)Administratv informcija
IV.3.1)Identifikcijas numurs, ko pierusi lgumsldzja iestde
LVM 2015/295_ak
IV.3.2)Iepriekja(-as) publikcija(-as) par o pau lgumu
Paziojums par lgumu
Paziojuma numurs ES OV: [9]2015/S 124-227547 1.7.2015
Citas iepriekjas publikcijas
Paziojuma numurs ES OV: [10]2015/S 191-346096 2.10.2015
V iedaa: Lguma slganas tiesbu pieirana
Lgums Nr.: 1 Nosaukums: Par zvrinta revidenta pakalpojuma snieganu
AS Latvijas valsts mei finanu prskata revzijai
V.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas lmuma datums:
11.1.2016
V.2)Informcija par piedvjumiem
Saemto piedvjumu skaits: 3
V.3)T uzmja nosaukums un adrese, kuram nolemts pieirt lguma
slganas tiesbas
SIA Ernst & Young Baltic
Muitas iela 1
Rga, LV-1010
LATVIJA
V.4)Informcija par lguma vrtbu
Lguma skotnji paredzt kopj vrtba:
Vrtba: 87 500 EUR
Bez PVN
Lguma kopj galg vrtba:
Vrtba: 87 500 EUR
Bez PVN
V.5)Informcija par apaklgumiem
Ir paredzti apaklgumi: n
VI iedaa: Papildinformcija
VI.1)Informcija par Eiropas Savienbas fondiem
Lgums ir saistts ar projektu un/vai programmu, ko finans no Eiropas
Savienbas fondiem: n
VI.2)Papildu informcija:
Pretendents SIA KPMG Baltics piedvjuma vrtanas gait tika
noraidts, pamatojoties uz to, ka finanu piedvjum nebija nordta
faktisk piedvt lgumcena par revzijas pakalpojumiem 2015.-2019.
gadam atbilstoi starptautiskajiem revzijas standartiem prskatam, kas
sagatavots saska ar starptautiskajiem finanu prskata standartiem.
Atkrtots paziojums par iepirkuma procedras rezulttiem tiek
publicts, emot vr Iepirkuma uzraudzbas biroja 2016. gada 04.
janvra lmumu Nr.4-1.2/15-383.
VI.3)Prsdzbas procedras
VI.3.1)Struktra, kas atbildga par prsdzbas procedrm
Iepirkumu uzraudzbas birojs
Eksporta iela 6
RgaLV-
LATVIJA
E-pasts: [11]pasts@iub.gov.lv
Tlrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.3.2)Prsdzbu iesniegana
Precza informcija par prsdzbu iesnieganas termiu(-iem): Saska
ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro dau.
VI.3.3)Iestde, kur var saemt informciju par prsdzbu iesnieganu
Iepirkumu uzraudzbas birojs
Eksporta iela 6
RgaLV-
LATVIJA
E-pasts: [12]pasts@iub.gov.lv
Tlrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.4) paziojuma nostanas datums:
16.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Dosierpumpen - BG-Sofia
Teile für Dosierpumpen
Reparatur und Wartung von Pumpen
Dokument Nr...: 19373-2016 (ID: 2016012009192457569)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
BG-Sofia: Teile für Dosierpumpen
2016/S 13/2016 19373
, 130175000, , .. IV, .
1, 2, , Zu Händen von:
, 1766, BULGARIEN. Telefon: +359 28122560. Fax: +359
28122589. E-Mail: vkrasteva@sofiyskavoda.bg
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.11.2015, [1]2015/S
227-414081)
Betr.:
CPV:42124222, 50511000
Teile für Dosierpumpen
Reparatur und Wartung von Pumpen
Anstatt:
IV.3.3) :
14.1.2016 (16:00)
IV.3.4) :
14.1.2016 (16:00)
IV.3.7) :
15.1.2016 (10:00)
muss es heißen:
IV.3.3) :
4.2.2016 (16:00)
IV.3.4) :
4.2.2016 (16:00)
IV.3.7) :
5.2.2016 (10:00)
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
,
. 27, . 9, . 1,
.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414081-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2016 S13 - - - -
-:
2016/S 013-019373
, 130175000, , .. IV, .
1, 2, , :
, 1766, . : +359 28122560. : +359
28122589. : vkrasteva@sofiyskavoda.bg
( , 24.11.2015,
[1]2015/S 227-414081)
:
CPV:42124222, 50511000
:
IV.3.3) :
14.1.2016 (16:00)
IV.3.4) :
14.1.2016 (16:00)
IV.3.7) :
15.1.2016 (10:00)
:
IV.3.3) :
4.2.2016 (16:00)
IV.3.4) :
4.2.2016 (16:00)
IV.3.7) :
5.2.2016 (10:00)
.
,
.
,
. 27, . 9, . 1,
.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur- und Wartungsdienste - SI-Krko
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Maschinen
Installation von Maschinen und Geräten
Vorbeugende Wartung
Installation von Motoren
Dokument Nr...: 19473-2016 (ID: 2016012009202157662)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
SI-Krko: Reparatur- und Wartungsdienste
2016/S 13/2016 19473
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Zu Händen von: Miljenko Mareti
SI-8270 Krko
SLOWENIEN
Telefon: +386 74802286
E-Mail: [4]miljenko.marcetic@nek.si
Fax: +386 74921528
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://nek.si
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50000000, 50530000, 51500000, 50324200, 51140000
Beschreibung
Reparatur- und Wartungsdienste.
Reparatur und Wartung von Maschinen.
Installation von Maschinen und Geräten.
Vorbeugende Wartung.
Installation von Motoren.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
11.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Slowenisch.
References
4. mailto:miljenko.marcetic@nek.si?subject=TED
5. http://nek.si/
OT: 20/01/2016 S13 - - Storitve - Obvestilo o javnem naroilu -
Postopek s pogajanji
Slovenija-Krko: Storitve popravila in vzdrevanja
2016/S 013-019473
Obvestilo o naroilu gospodarske javne slube
Storitve
Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naronik
I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
V roke: Miljenko Mareti
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802286
E-pota: [6]miljenko.marcetic@nek.si
Telefaks: +386 74921528
Internetni naslovi:
Internetni naslov naronika: [7]http://nek.si
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih
tokah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkljuno z dokumentacijo za
dinamini nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih
kontaktnih tokah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri
zgoraj navedenih kontaktnih tokah
I.2)Glavna podroja dejavnosti
Elektrina energija
I.3)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
Oddelek II: Predmet naroila
II.1)Opis
II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik:
Elektro remontna dela R16.
II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
t. kategorije storitev 1: Storitve vzdrevanja in popravljanja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Nuklearna
Elektrarna Krko, Vrbina 12, SI-8250 Krko.
ifra NUTS SI
II.1.3)Informacije o javnem naroilu, okvirnem sporazumu ali dinaminem
nabavnem sistemu
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naroila ali nabave:
Elektro remontna dela R16.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naroil
50000000, 50530000, 51500000, 50324200, 51140000
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
II.1.8)Informacije o sklopih
II.1.9)Informacije o variantah
II.2)Koliina ali obseg naroila
II.2.1)Celotna koliina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljanjih
II.3)Trajanje naroila ali rok za zakljuek
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finanne in tehnine informacije
III.1)Pogoji, ki se nanaajo na naroilo
III.1.1)Finanna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plailna ureditev ter sklic na
ustrezne dolobe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih
subjektov, ki ji bo naroilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji:
III.2)Pogoji za udelebo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vkljuno z zahtevami v
zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)Poslovna in finanna sposobnost
III.2.3)Tehnina sposobnost
III.2.4)Informacije o pridranih naroilih
III.3)Specifini pogoji za naroila storitev
III.3.1)Informacije o doloeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek
IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
Nekateri kandidati so e izbrani (mono pri nekaterih vrstah postopkov
s pogajanji): ne
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
Uporabljena bo elektronska draba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik:
IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
(razen za DPS)
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vloiti ponudbe ali prijave za
sodelovanje
slovenina.
IV.3.6)Minimalni asovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
veljavnost ponudbe
IV.3.7)Nain odpiranja ponudb
Datum: 11.2.2016 - 12:00
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1)Informacije o ponovitvah naroila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je mono dobiti na:
[8]http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/1/12773-9400462969181966
3261/Celota_-_Elektro_remontna_dela_R16.zip
Rok za prejem ponudnikovih vpraanj na Portalu javnih naroil:
2.2.2016, 09:00.
VI.4)Pritobeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
VI.4.2)Vloitev pritob
VI.4.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
VI.5)Datum poiljanja tega obvestila:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: CH-Genf: - CH-Genf
Planung und Ausführung von Forschung und Entwicklung
Dokument Nr...: 19573-2016 (ID: 2016012009212957748)
Veröffentlicht: 20.01.2016
*
CH-Genf:
2016/S 13/2016 19573
Vorinformation
Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
European Organization for Nuclear Research (CERN) Lead procurer
Geneva 23
1211
SCHWEIZ
Kontaktstelle(n): Dante Gregorio
Telefon: +41 227676335
E-Mail: [5]dante.gregorio@cern.ch
Fax: +41 227669912
NUTS-Code: CH013
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [6]http://www.cern.ch/
Adresse des Beschafferprofils: [7]http://helix-nebula.eu/
I.1)Name und Adressen
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
PO Box 3640
Karlsruhe
76021
DEUTSCHLAND
Kontaktstelle(n): Andreas Heiss
Telefon: +49 721608-25639
E-Mail: [8]andreas.heiss@kit.edu
Fax: +49 721608-24972
NUTS-Code: DE122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [9]http://www.kit.edu/
I.1)Name und Adressen
SURFsara
PO Box 94613
Amsterdam
1090 GP
NIEDERLANDE
Kontaktstelle(n): Axel Berg
Telefon: +31 208001300
E-Mail: [10]axel.berg@surfsara.nl
NUTS-Code: NL326
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [11]http://www.surf.nl/
I.1)Name und Adressen
Institut de Fisica d'Altes Energies
Campus UAB. Edifici Cn. Bellaterra, Cerdanyola Del Valles
Barcelona
08193
SPANIEN
Kontaktstelle(n): Mari Carmen Porto
Telefon: +34 935814109
E-Mail: [12]mporto@pic.es
Fax: +34 935814110
NUTS-Code: ES51
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [13]http://www.ifae.es/
I.1)Name und Adressen
Science and Technology Facilities Council (STFC)
Polaris House, North Star Avenue
Swindon
SN2 1SZ
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Kontaktstelle(n): Denise Small
Telefon: +44 1235445121
E-Mail: [14]denise.small@stfc.ac.uk
NUTS-Code: UKK14
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [15]http://www.stfc.ac.uk
I.1)Name und Adressen
Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY)
Notkestrasse 85
Hamburg
22607
DEUTSCHLAND
Kontaktstelle(n): Martin Gasthuber
Telefon: +49 4089982564
E-Mail: [16]martin.gasthuber@desy.de
Fax: +49 4089942564
NUTS-Code: DE600
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [17]http://www.desy.de/
I.1)Name und Adressen
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
3 rue Michel-Ange
Paris Cedex 16
75794
FRANKREICH
Kontaktstelle(n): Natacha Moquet
Telefon: +33 144964318
E-Mail: [18]nmoquet@admin.in2p3.fr
Fax: +33 144964914
NUTS-Code: FR101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [19]http://www.cnrs.fr/
I.1)Name und Adressen
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Meyerhofstrasse 1
Heidelberg
69117
DEUTSCHLAND
Kontaktstelle(n): Steven Newhouse
Telefon: +44 1223494651
E-Mail: [20]snewho@ebi.ac.uk
Fax: +44 1223494468
NUTS-Code: DE125
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [21]http://www.embl.de/
I.1)Name und Adressen
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Via Enrico Fermi, 40, Frascati
Rome
00044
ITALIEN
Kontaktstelle(n): Martina Allegro
Telefon: +39 0512095261
E-Mail: [22]martina.allegro@bo.infn.it
Fax: +39 0512095080
NUTS-Code: ITD55
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [23]http://www.infn.it/
I.2)Gemeinsame Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder
beteiligt sind geltendes nationales Beschaffungsrecht:
Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by
Horizon 2020 grants; Directive 2014/24/EU on public procurement;
General Conditions for Invitations to Tender by CERN.
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: High Energy Physics Laboratory
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
HNSciCloud Pre-Commercial Procurement.
Referenznummer der Bekanntmachung: 687614
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73300000 - JA17
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
This PIN is to announce an open market consultation and early
announcement of the HNSciCloud Pre-Commercial Procurement (PCP) of a
joint science cloud platform for the European research community. The
cloud platform will combine several sub-challenges requiring a
combination of services at the IaaS level integrated into an
environment supporting the full life-cycle of science work-flows.
This PCP will develop a set of requirements for cloud services
addressing the needs of a group of buyers from across Europe that serve
multiple data-intensive research communities. The R&D services to be
developed will need to be integrated with the resources in data centres
operated by the buyers group and European-scale publicly funded
e-Infrastructures using open source solutions to build a hybrid
platform on which a competitive marketplace of European cloud players
can develop their own services for a wider range of users beyond
research and science.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 383 332.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
R&D services to be developed will be integrated with resources in data
centres operated by buyers group and European-scale publicly funded
e-Infrastructures using open source solutions (see II.1.4) above).
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The buyers group need a means to increase analysis capability and
capacity offered to their users to keep pace with growth in scientific
data that needs to be analysed. The cloud platform must be available to
end-users distributed around the world in an on-demand and elastic
manner with Reliability, Availability and Security (RAS). This will
include providing cost-effective services exploiting capacity-style CPU
cycles and online storage connected via high-speed networks that can
execute a range of scientific workloads from compute intensive
simulations to data intensive analysis. The core of this innovative
approach lies in the federation with publicly funded e-Infrastructures
based on open source solutions, to build a hybrid platform on top of
which a range of higher-level user specific services can be deployed.
Emphasis will be given to trusted cloud services supporting
internationally recognised security standards capable of supporting an
open ecosystem federating multiple suppliers.
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The PCP duration is 1.1.2016 to 30.6.2018. R&D services contracts will
be awarded to a number of R&D providers in parallel to compare
competing solutions. This will be done in a phased approach with a
framework agreement covering 3 phases (solution design, prototyping,
pilot deployments made available to end users from research communities
supported by buyers group) over a period of approx. 24 months.
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
Auftragsbekanntmachung:
13/05/2016
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
The open market consultation will be held at CERN on 17.3.2016.
Interested parties are requested to register for the event no later
than 29.2.2016 at [24]http://cern.ch/go/7LLP
Places are allocated on a first-come-first-served basis. The event can
also be followed online via a webcast for registered participants.
Background information about the PCP and information (Q&A) provided
during and as a result of the open market consultation can be retrieved
from the Helix Nebula website [25]www.helix-nebula.eu/
This PIN and the open market consultation are not part of any
pre-qualification or selection process. Responding to this PIN and
attending the open market consultation is not a prerequisite for
participation in any subsequent procurement.
This PCP procurement receives funding under the European Union's
Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Horizon 2020
grant agreement No 687614 [26]www.helix-nebula.eu/
The EU is however not participating as a contracting authority in this
procurement.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/01/2016
References
5. mailto:dante.gregorio@cern.ch?subject=TED
6. http://www.cern.ch/
7. http://helix-nebula.eu/
8. mailto:andreas.heiss@kit.edu?subject=TED
9. http://www.kit.edu/
10. mailto:axel.berg@surfsara.nl?subject=TED
11. http://www.surf.nl/
12. mailto:mporto@pic.es?subject=TED
13. http://www.ifae.es/
14. mailto:denise.small@stfc.ac.uk?subject=TED
15. http://www.stfc.ac.uk/
16. mailto:martin.gasthuber@desy.de?subject=TED
17. http://www.desy.de/
18. mailto:nmoquet@admin.in2p3.fr?subject=TED
19. http://www.cnrs.fr/
20. mailto:snewho@ebi.ac.uk?subject=TED
21. http://www.embl.de/
22. mailto:martina.allegro@bo.infn.it?subject=TED
23. http://www.infn.it/
24. http://cern.ch/go/7LLP
25. http://www.helix-nebula.eu/
26. http://www.helix-nebula.eu/
OT: 20/01/2016 S13 - - Services - Prior Information Notice without
call for competition - Not applicable
Switzerland-Geneva: Design and execution of research and development
2016/S 013-019573
Prior information notice
This notice is for prior information only
Services
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)Name and addresses
European Organization for Nuclear Research (CERN) Lead procurer
Geneva 23
1211
SWITZERLAND
Contact person: Dante Gregorio
Telephone: +41 227676335
E-mail: [5]dante.gregorio@cern.ch
Fax: +41 227669912
NUTS code: CH013
Internet address(es):
Main address: [6]http://www.cern.ch/
Address of the buyer profile: [7]http://helix-nebula.eu/
I.1)Name and addresses
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
PO Box 3640
Karlsruhe
76021
GERMANY
Contact person: Andreas Heiss
Telephone: +49 721608-25639
E-mail: [8]andreas.heiss@kit.edu
Fax: +49 721608-24972
NUTS code: DE122
Internet address(es):
Main address: [9]http://www.kit.edu/
I.1)Name and addresses
SURFsara
PO Box 94613
Amsterdam
1090 GP
NETHERLANDS
Contact person: Axel Berg
Telephone: +31 208001300
E-mail: [10]axel.berg@surfsara.nl
NUTS code: NL326
Internet address(es):
Main address: [11]http://www.surf.nl/
I.1)Name and addresses
Institut de Fisica d'Altes Energies
Campus UAB. Edifici Cn. Bellaterra, Cerdanyola Del Valles
Barcelona
08193
SPAIN
Contact person: Mari Carmen Porto
Telephone: +34 935814109
E-mail: [12]mporto@pic.es
Fax: +34 935814110
NUTS code: ES51
Internet address(es):
Main address: [13]http://www.ifae.es/
I.1)Name and addresses
Science and Technology Facilities Council (STFC)
Polaris House, North Star Avenue
Swindon
SN2 1SZ
UNITED KINGDOM
Contact person: Denise Small
Telephone: +44 1235445121
E-mail: [14]denise.small@stfc.ac.uk
NUTS code: UKK14
Internet address(es):
Main address: [15]http://www.stfc.ac.uk
I.1)Name and addresses
Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY)
Notkestrasse 85
Hamburg
22607
GERMANY
Contact person: Martin Gasthuber
Telephone: +49 4089982564
E-mail: [16]martin.gasthuber@desy.de
Fax: +49 4089942564
NUTS code: DE600
Internet address(es):
Main address: [17]http://www.desy.de/
I.1)Name and addresses
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
3 rue Michel-Ange
Paris Cedex 16
75794
FRANCE
Contact person: Natacha Moquet
Telephone: +33 144964318
E-mail: [18]nmoquet@admin.in2p3.fr
Fax: +33 144964914
NUTS code: FR101
Internet address(es):
Main address: [19]http://www.cnrs.fr/
I.1)Name and addresses
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Meyerhofstrasse 1
Heidelberg
69117
GERMANY
Contact person: Steven Newhouse
Telephone: +44 1223494651
E-mail: [20]snewho@ebi.ac.uk
Fax: +44 1223494468
NUTS code: DE125
Internet address(es):
Main address: [21]http://www.embl.de/
I.1)Name and addresses
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Via Enrico Fermi, 40, Frascati
Rome
00044
ITALY
Contact person: Martina Allegro
Telephone: +39 0512095261
E-mail: [22]martina.allegro@bo.infn.it
Fax: +39 0512095080
NUTS code: ITD55
Internet address(es):
Main address: [23]http://www.infn.it/
I.2)Joint procurement
The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state
applicable national procurement law:
Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by
Horizon 2020 grants; Directive 2014/24/EU on public procurement;
General Conditions for Invitations to Tender by CERN.
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: High Energy Physics Laboratory
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
HNSciCloud Pre-Commercial Procurement.
Reference number: 687614
II.1.2)Main CPV code
73300000 - JA17
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:
This PIN is to announce an open market consultation and early
announcement of the HNSciCloud Pre-Commercial Procurement (PCP) of a
joint science cloud platform for the European research community. The
cloud platform will combine several sub-challenges requiring a
combination of services at the IaaS level integrated into an
environment supporting the full life-cycle of science work-flows.
This PCP will develop a set of requirements for cloud services
addressing the needs of a group of buyers from across Europe that serve
multiple data-intensive research communities. The R&D services to be
developed will need to be integrated with the resources in data centres
operated by the buyers group and European-scale publicly funded
e-Infrastructures using open source solutions to build a hybrid
platform on which a competitive marketplace of European cloud players
can develop their own services for a wider range of users beyond
research and science.
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 383 332.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: 00
Main site or place of performance:
R&D services to be developed will be integrated with resources in data
centres operated by buyers group and European-scale publicly funded
e-Infrastructures using open source solutions (see II.1.4) above).
II.2.4)Description of the procurement:
The buyers group need a means to increase analysis capability and
capacity offered to their users to keep pace with growth in scientific
data that needs to be analysed. The cloud platform must be available to
end-users distributed around the world in an on-demand and elastic
manner with Reliability, Availability and Security (RAS). This will
include providing cost-effective services exploiting capacity-style CPU
cycles and online storage connected via high-speed networks that can
execute a range of scientific workloads from compute intensive
simulations to data intensive analysis. The core of this innovative
approach lies in the federation with publicly funded e-Infrastructures
based on open source solutions, to build a hybrid platform on top of
which a range of higher-level user specific services can be deployed.
Emphasis will be given to trusted cloud services supporting
internationally recognised security standards capable of supporting an
open ecosystem federating multiple suppliers.
II.2.14)Additional information
The PCP duration is 1.1.2016 to 30.6.2018. R&D services contracts will
be awarded to a number of R&D providers in parallel to compare
competing solutions. This will be done in a phased approach with a
framework agreement covering 3 phases (solution design, prototyping,
pilot deployments made available to end users from research communities
supported by buyers group) over a period of approx. 24 months.
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
13/05/2016
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information
VI.3)Additional information:
The open market consultation will be held at CERN on 17.3.2016.
Interested parties are requested to register for the event no later
than 29.2.2016 at [24]http://cern.ch/go/7LLP
Places are allocated on a first-come-first-served basis. The event can
also be followed online via a webcast for registered participants.
Background information about the PCP and information (Q&A) provided
during and as a result of the open market consultation can be retrieved
from the Helix Nebula website [25]www.helix-nebula.eu/
This PIN and the open market consultation are not part of any
pre-qualification or selection process. Responding to this PIN and
attending the open market consultation is not a prerequisite for
participation in any subsequent procurement.
This PCP procurement receives funding under the European Union's
Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Horizon 2020
grant agreement No 687614 [26]www.helix-nebula.eu/
The EU is however not participating as a contracting authority in this
procurement.
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauleistungen im Hochbau - FR-Arpajon
Bauleistungen im Hochbau
Ausbau von Gebäuden
Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
Dokument Nr...: 19673-2016 (ID: 2016012109022757893)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
FR-Arpajon: Bauleistungen im Hochbau
2016/S 14/2016 19673
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
Centre DAM Île-de-France Bruyères-le-Châtel, Zu Händen von: Carine
Videau, Arpajon Cedex 91297, FRANKREICH. Telefon: +33 169267779. Fax:
+33 169267009. E-Mail: carine.videau@cea.fr
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 15.12.2015, [1]2015/S
242-438641)
Betr.:
CPV:45210000, 45262800, 45260000
Bauleistungen im Hochbau
Ausbau von Gebäuden
Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
Anstatt:
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
Durée en mois: 18
muss es heißen:
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
Durée en mois: 23
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438641-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016 S14 - - Marché de travaux - Informations
complémentaires - Procédure restreinte
France-Arpajon: Travaux de construction de bâtiments
2016/S 014-019673
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
Centre DAM Île-de-France Bruyères-le-Châtel, À l'attention de:
Carine Videau, Arpajon Cedex 91297, FRANCE. Téléphone: +33 169267779.
Fax: +33 169267009. E-mail: carine.videau@cea.fr
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.12.2015,
[1]2015/S 242-438641)
Objet:
CPV:45210000, 45262800, 45260000
Travaux de construction de bâtiments
Travaux d'extension de bâtiments
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Au lieu de:
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
Durée en mois: 18
Lire:
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:
Durée en mois: 23
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Zubereitung von Mahlzeiten - PL-Racibórz
Zubereitung von Mahlzeiten
Dokument Nr...: 1973-2016 (ID: 2016010509101239309)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
PL-Racibórz: Zubereitung von Mahlzeiten
2016/S 2/2016 1973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
Kontaktstelle(n): Dzia Zamówie Publicznych
Zu Händen von: Tomasz Zajczkowski
47-400 Racibórz
POLEN
Telefon: +48 327555080
E-Mail: [4]przetargi@szpital-raciborz.org
Fax: +48 327555049
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://szpital-raciborz.org
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
55321000
Beschreibung
Zubereitung von Mahlzeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 098 331,33 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
IMPEL Catering Company Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. lna 118
53-111 Wrocaw
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 545 792 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 098 331,33 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 33
References
4. mailto:przetargi@szpital-raciborz.org?subject=TED
5. http://szpital-raciborz.org/
OT: 05/01/2016 S2 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Racibórz: Usugi przygotowywania posików
2016/S 002-001973
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
Punkt kontaktowy: Dzia Zamówie Publicznych
Osoba do kontaktów: Tomasz Zajczkowski
47-400 Racibórz
POLSKA
Tel.: +48 327555080
E-mail: [6]przetargi@szpital-raciborz.org
Faks: +48 327555049
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://szpital-raciborz.org
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usuga gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posików
do óka pacjenta na bazie kuchni wykonawcy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Szpital Rejonowy w Raciborzu
ul. Gamowska 3.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usugi cateringowej
(caodzienne ywienie pacjentów hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym
w Raciborzu na bazie kuchni wykonawcy, zlokalizowanej poza obiektami
zamawiajcego i oddalonej maksymalnie 60 km od jego siedziby.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) przygotowywanie i dostawa caodziennego wyywienia w ilociach
wynikajcych z liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzgldnieniem
wymogów zamawiajcego i zalece dietetycznych Instytutu ywnoci i
ywienia w Warszawie,
b) dowóz posików przez wykonawc do siedziby zamawiajcego,
c) porcjowanie i dystrybucja posików do óka pacjenta.
d) odbiór brudnych naczy stoowych, zmywanie i dezynfekcja, które
odbywa si bd w pomieszczeniach kuchenek oddziaowych,
e) odbiór brudnych termosów i pojemników typu GN po wydaniu posików i
ich zmywanie u wykonawcy,
f) w celu realizacji przedmiotu zamówienia zamawiajcy wynajmie
kuchenki oddziaowe wraz z wyposaeniem odrbn umow,
g) prowadzenie kuchni mlecznej na oddziale pediatrycznym i
przygotowywanie na bieco mieszanek mlecznych,
h) odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (cznie z oddziaem
zakanym) zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie wywozu i
unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych.
2. Szacunkowa ilo zamawianych osobodni w okresie 33 miesicy wyniesie
253 400, tj. 7680 miesicznie (256 dziennie pacjentów).Ilo ta jest
wartoci jedynie szacunkow i moe ulec zmianie w zalenoci od
zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Wykonawca ma obowizek przej pracowników poprzedniego wykonawcy
przekazanych ze Szpitala na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy 5 osób
do dystrybucji posików.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
55321000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 4 098 331,33 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
10/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 212-386177 z dnia 31.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
IMPEL Catering Company Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. lna 118
53-111 Wrocaw
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 3 545 792 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 098 331,33 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 33
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc
wanego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Odwoujcy przesya kopi odwoania zamawiajcemu przed upywem
terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
z jego treci przed upywem tego terminu.
3. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówie publicznych, albo w terminie 15 dni jeeli zostay przesane
w inny sposób.
4. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec
postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w
terminie 10 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwoanie wobec innych czynnoci zamawiajcego wnosi si w terminie
10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej
starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych
podstaw jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania ofert
bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogoszenia
przez Izb orzeczenia.
7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoawczej przysuguje skarga do sdu.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Video-Überwachungssystem - FR-Tourcoing
Video-Überwachungssystem
Bildsendegerät
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 19773-2016 (ID: 2016012109034757991)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
FR-Tourcoing: Video-Überwachungssystem
2016/S 14/2016 19773
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Tourcoing
52 rue du Calvaire
Kontaktstelle(n): Du service de commande publique
59200 Tourcoing
FRANKREICH
Telefon: +33 320010290
E-Mail: [4]marchespublics@ville-tourcoing.fr
Fax: +33 320010299
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tourcoing.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
Weitere Auskünfte erteilen: mairie de Tourcoing
10 place Victor Hassebroucq BP 479
Zu Händen von: Service commande publique
59208 Tourcoing Cédex
Telefon: +33 320010290
E-Mail: [7]marchespublics@ville-tourcoing.fr
Fax: +33 320010299
Internet-Adresse: [8]http://www.tourcoing.fr
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32323500, 32223000, 32000000
Beschreibung
Video-Überwachungssystem.
Bildsendegerät.
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und
Zubehör.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
18.2.2016 - 16:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:marchespublics@ville-tourcoing.fr?subject=TED
5. http://www.tourcoing.fr/
6. http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com/
7. mailto:marchespublics@ville-tourcoing.fr?subject=TED
8. http://www.tourcoing.fr/
OT: 21/01/2016 S14 - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Tourcoing: Système de surveillance vidéo
2016/S 014-019773
Avis de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Tourcoing
52 rue du Calvaire
Point(s) de contact: Du service de commande publique
59200 Tourcoing
FRANCE
Téléphone: +33 320010290
E-mail: [6]marchespublics@ville-tourcoing.fr
Fax: +33 320010299
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.tourcoing.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: mairie de Tourcoing
10 place Victor Hassebroucq BP 479
À l'attention de: Service commande publique
59208 Tourcoing Cédex
Téléphone: +33 320010290
E-mail: [9]marchespublics@ville-tourcoing.fr
Fax: +33 320010299
Adresse internet: [10]http://www.tourcoing.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture, l'installation de caméras et la maintenance du système de
vidéosurveillance de la Ville de Tourcoing.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: 50 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing.
Code NUTS FR301
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Les prestations principales sont:
la pose de nouvelles caméras dômes mobiles haute définition et caméra
fixe haute définition,
l'adaptation au poste de commandement fourniture et mise en uvre des
équipements liaison en fibre, transmission au CSU par fibre ,radio,
laser,
des prestations de de génie civil telles que pose de fourreaux,
chambres de tirage, regards,
la fourniture de pièces détachées: (caméras, serveurs, switch, etc.),
la maintenance du système existant.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32323500, 32223000, 32000000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Le présent marché est un marché à bons de commande d'un minimum de 80
000 EUR HT et d'un montant maximum de 1 000 000 EUR HT sur la durée
totale du marché, soit 2 ans.
Accord-cadre au sens de la directive CE-2004/18.
Lors de son exécution, le marché issu de la présente consultation
donnera lieu à un marché à bons de commandes, conformément à l'article
77 du code des marchés publics.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Paiement par virement administratif sous 30 jours financement
effectué à partir des ressources propres de la Ville de Tourcoing,
inscrit au budget.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Lettre de candidature (DC1).
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Déclaration du candidat (DC2) comportant la présentation
d'une liste des principales références effectuées au cours des 3
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé ainsi qu'un contact (nom, prénom et téléphone).
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
18.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires
Les candidats pourront remettre leur offre sous forme électronique, à
l'adresse suivante: [11]http://mairie-tourcoing.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lille
143 avenue Jacquemars Giélée, BP 2039
59014 Lille Cédex
E-mail: [12]greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 320631300
Adresse internet: [13]http://lille.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 320631347
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Lille
143 avenue Jacquemars Giélée, BP 2039
59014 Lille Cédex
E-mail: [14]greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 320631300
Adresse internet: [15]http://lille.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 320631347
VI.5)Date denvoi du présent avis:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Überholungs- und Sanierungsarbeiten - FR-Rochefort
Überholungs- und Sanierungsarbeiten
Dokument Nr...: 19873-2016 (ID: 2016012109043458087)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
FR-Rochefort: Überholungs- und Sanierungsarbeiten
2016/S 14/2016 19873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Office public de l'habitat
10 rue Pujos, BP 60151
Zu Händen von: Mme Curvat Caroline
17306 Rochefort Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 0546822352
E-Mail: [4]c.curvat@oph-rochefort.fr
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.marches-securises.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45453000
Beschreibung
Überholungs- und Sanierungsarbeiten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SARL Reno 17
rue de Mouillepieds
17300 Rochefort
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Les Couvertures Lopez
8 rue de la Pierre Taillée
17220 Salles-sur-Mer
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
France Menuisiers
68 rue du Quebec
17000 La Rochelle
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
France Menuisiers
68 rue de Quebec
17000 La Rochelle
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Société Bordelaise d'Étanchéité
10 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d'Ornon
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:c.curvat@oph-rochefort.fr?subject=TED
5. http://www.marches-securises.fr/
OT: 21/01/2016 S14 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Rochefort: Travaux de remise en état et de remise à neuf
2016/S 014-019873
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Office public de l'habitat
10 rue Pujos, BP 60151
À l'attention de: Mme Curvat Caroline
17306 Rochefort Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 0546822352
E-mail: [6]c.curvat@oph-rochefort.fr
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.marches-securises.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Travaux d'entretien courant et de remise en état des logements.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Travaux d'entretien courant et de remise en état des logements.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45453000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestation. Pondération 50
2. Valeur technique. Pondération 40
3. Performances en matière de protection de l'environnement.
Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 124-226542 du 1.7.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Maçonnerie
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SARL Reno 17
rue de Mouillepieds
17300 Rochefort
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 2 - Intitulé: Couverture
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Les Couvertures Lopez
8 rue de la Pierre Taillée
17220 Salles-sur-Mer
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 3 - Intitulé: Menuiserie bois, PVC et aluminium, quincaillerie,
serrurerie et vitrerie
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
France Menuisiers
68 rue du Quebec
17000 La Rochelle
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 4 - Intitulé: Menuiserie fer et métallerie
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
France Menuisiers
68 rue de Quebec
17000 La Rochelle
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 8 - Intitulé: Étanchéité
V.1)Date d'attribution du marché:
2.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Société Bordelaise d'Étanchéité
10 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d'Ornon
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-98628, mise en ligne le 26.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac BP 541
86020 Poitiers Cedex
E-mail: [9]greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Téléphone: +33 0549607919
Adresse internet: [10]http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 0549606809
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif
Hôtel Gilbert 15 rue de Blossac BP 541
86020 Poitiers Cedex
E-mail: [11]greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Téléphone: +33 0549607919
Adresse internet: [12]http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 0549606809
VI.4)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Elektrizität - HU-Budapest
Elektrizität
Dokument Nr...: 19973-2016 (ID: 2016012109055158178)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
HU-Budapest: Elektrizität
2016/S 14/2016 19973
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Zu Händen von: dr. Izsák Anita
1125 Budapest
UNGARN
Telefon: +36 13561522
E-Mail: [4]izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.aeek.hu
Weitere Auskünfte erteilen: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Zu Händen von: dr. Király Róbert
1071 Budapest
UNGARN
Telefon: +36 12880707
E-Mail: [6]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Zu Händen von: dr. Király Róbert
1071 Budapest
UNGARN
Telefon: +36 12880707
E-Mail: [7]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Zu Händen von: dr. Király Róbert
1071 Budapest
UNGARN
Telefon: +36 12880707
E-Mail: [8]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000
Beschreibung
Elektrizität.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 5.2.2016 - 11:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.2.2016 - 11:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Ungarisch.
References
4. mailto:izsak.anita@aeek.hu?subject=TED
5. http://www.aeek.hu/
6. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
7. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
8. mailto:rkiraly@juratio.hu?subject=TED
OT: 21/01/2016 S14 - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt
eljárás
Magyarország-Budapest: Villamos energia
2016/S 014-019973
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
AK15794
Diós árok 3.
Címzett: dr. Izsák Anita
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13561522
E-mail: [6]izsak.anita@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér általános címe: [7]www.aeek.hu
További információ a következ címen szerezhet be: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Címzett: dr. Király Róbert
1071 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12880707
E-mail: [8]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
A dokumentáció és a kiegészít iratok (a versenypárbeszédre és a
dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következ címen
szerezhetk be: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Címzett: dr. Király Róbert
1071 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12880707
E-mail: [9]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ címre kell
benyújtani: Juratio Zrt.
Városligeti fasor 23. II/6.
Címzett: dr. Király Róbert
1071 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12880707
E-mail: [10]rkiraly@juratio.hu
Fax: +36 12880708
I.2)Az ajánlatkér típusa
Közjogi intézmény
I.3)F tevékenység
Egészségügy
I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
Albert Schweitzer Kórház-rendelintézet
Balassi Bálint út 16.
3000 Hatvan
MAGYARORSZÁG
Állami Szívkórház
Gyógy tér 2.
8230 Balatonfüred
MAGYARORSZÁG
Almási Balogh Pál Kórház
Béke u. 13.
3600 Ózd
MAGYARORSZÁG
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelintézet
Váralja út 6.
2890 Tata,
MAGYARORSZÁG
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Nyíri út 38.
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelintézet
Maglódi út 8991.
1106 Budapest
MAGYARORSZÁG
Bányászati Utókezel és Éjjeli Szanatórium
Fürd u. 4.
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Batthyány Kázmér Szakkórház
Iskola u.11.
2870 Kisbér
MAGYARORSZÁG
B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Szentpéteri kapu 7276.
3526 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Semmelweis u. 1.
5700 Gyula
MAGYARORSZÁG
Bonyhádi Kórház és Rendelintézet
Bajcsy Zs. u. 25.
7150 Bonyhád
MAGYARORSZÁG
Bugát Pál Kórház
Dózsa György út 2022.
3200 Gyöngyös
MAGYARORSZÁG
Csolnoky Ferenc Kórház
Kórház u. 1.
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Sima Ferenc u. 4458.
6600 Szentes
MAGYARORSZÁG
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezvásárhely-Makó
Dr. Imre József u.2.
6800 Hódmezvásárhely
MAGYARORSZÁG
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Alkotmány u. 36.
6772 Deszk
MAGYARORSZÁG
Deák Jen Kórház
Ady E. u. 13.
8300 Tapolca
MAGYARORSZÁG
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Kórház u. 3941.
7200 Dombóvár
MAGYARORSZÁG
Dr. Réthy Pál Kórház-rendelintézet
Gyulai út 15.
5600 Békéscsaba
MAGYARORSZÁG
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-rendelintézet
Nagyvárad tér 1.
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház
Seregélyesi út 3.
8000 Székesfehérvár
MAGYARORSZÁG
Fels-szabolcsi Kórház
Árpád u. 26.
4600 Kisvárda
MAGYARORSZÁG
Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendel
Jókai út 59.
8500 Pápa
MAGYARORSZÁG
Gróf Tisza István Kórház
Orbán Balázs tér 1.
4100 Berettyóújfalu
MAGYARORSZÁG
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Horánszky u. 15.
1085 Budapest
MAGYARORSZÁG
Heim Pál Gyermekkórház
Ülli út 86.
1089 Budapest
MAGYARORSZÁG
Hévízgyógyfürd és Szent András Reumakórház
Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
8380 Hévíz
MAGYARORSZÁG
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelintézet
Köves u. 1.
1204 Budapest
MAGYARORSZÁG
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Szelei út 2
5100 Jászberény
MAGYARORSZÁG
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-rendelintézet
Tószegi út 21.
5000 Szolnok
MAGYARORSZÁG
Jávorszky Ödön Kórház
Argenti Döme tér 13.
2600 Vác
MAGYARORSZÁG
Karolina Kórház-rendelintézet
Régi Vámház tér 24.
9200 Mosonmagyaróvár
MAGYARORSZÁG
Károlyi Sándor Kórház
Nyár u. 103.
1041 Budapest
MAGYARORSZÁG
Kátai Gábor Kórház
Zöldfa u. 48.
5300 Karcag
MAGYARORSZÁG
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Május 1. út 56.
3700 Kazincbarcika
MAGYARORSZÁG
Kemenesaljai Egyesített Kórház
Nagy Sándor tér 3.
9500 Celldömölk
MAGYARORSZÁG
Kenézy Gyula Kórház és Rendelintézet
Bartók Béla út 226.
4031 Debrecen
MAGYARORSZÁG
Keszthelyi Kórház
Ady Endre u. 2.
8360 Keszthely
MAGYARORSZÁG
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Dr. Monszpart László u. 1.
6400 Kiskunhalas
MAGYARORSZÁG
Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Kossuth Lajos u. 72.
5340 Kunhegyes
MAGYARORSZÁG
Lumniczer Sándor Kórház-rendelintézet
Dr. Lumniczer Sándor u. 10.
9330 Kapuvár
MAGYARORSZÁG
Magyar Imre Kórház
Korányi Frigyes u. 1.
8400 Ajka
MAGYARORSZÁG
Margit Kórház Pásztó
Semmelweis u. 1517.
3060 Pásztó
MAGYARORSZÁG
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelintézet
Széchenyi út 2729.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Markusovszky Lajos u. 5.
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
MÁV Kórház és Rendelintézet, Szolnok
Verseghy út 68.
5000 Szolnok
MAGYARORSZÁG
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Csabai kapu u. 9011.
3529 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Misszió Egészségügyi Központ
Gyermekliget u. 30.
2112 Veresegyház
MAGYARORSZÁG
Nagyatádi Kórház
Bajcsy-Zs. u. 1.
7500 Nagyatád
MAGYARORSZÁG
Nagykrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelintézet
Fáskert u. 1.
2750 Nagykrös
MAGYARORSZÁG
Nyír Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Lehel u. 59.
1135 Budapest
MAGYARORSZÁG
Orosházi Kórház
Könd u. 59.
5900 Orosháza
MAGYARORSZÁG
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Amerikai út 57.
1145 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
Pihen út 1.
1121 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Szanatórium u. 19.
1121 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Frankel Leó út 2529.
1023 Budapest
MAGYARORSZÁG
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Semmelweis tér 1.
2143 Kistarcsa
MAGYARORSZÁG
Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelintézet és Baleseti Központ
Péterfy Sándor u. 820.
1076 Budapest
MAGYARORSZÁG
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Vasvári Pál u. 24.
9024 Gyr
MAGYARORSZÁG
Selye János Kórház
Széchenyi u. 2.
2921 Komárom
MAGYARORSZÁG
Siófoki Kórház-rendelintézet
Semmelweis u. 1.
8600 Siófok
MAGYARORSZÁG
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház
Tallián Gyula u. 2032.
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Gyri út 15.
9400 Sopron
MAGYARORSZÁG
Szakorvosi Rendelintézet Monor
Balassa B. u. 1.
2200 Monor
MAGYARORSZÁG
Szakorvosi Rendelintézet Szigetszentmiklós
Viola u. 1.
2310 Szigetszentmiklós
MAGYARORSZÁG
Szent Borbála Kórház
Dózsa Gy. út 77.
2800 Tatabánya
MAGYARORSZÁG
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Tétényi út 1216.
1115 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Diós u. 13.
1125 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Gizella telep
2026 Visegrád
MAGYARORSZÁG
Szent László Kórház
Rákóczi u. 30.
9600 Sárvár
MAGYARORSZÁG
Szent Lázár Megyei Kórház
Füleki út kórház 5456.
3100 Salgótarján
MAGYARORSZÁG
Szent Margit Kórház
Bécsi út 132.
1032 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szent Pantaleon Kórház-rendelintézet Dunaújváros
Korányi S. u. 46.
2400 Dunaújváros
MAGYARORSZÁG
Szent Rókus Kórház és Intézményei
Gyulai Pál u. . 2.
1085 Budapest
MAGYARORSZÁG
Szigetvári Kórház
Szent István ltp. 7.
7900 Szigetvár
MAGYARORSZÁG
Toldy Ferenc Kórház és Rendelintézet
Törteli út 13.
2700 Cegléd
MAGYARORSZÁG
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Béri B. Á. u. 57.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tüdgyógyintézet Törökbálint
Munkácsy M. u. 70.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
Uzsoki Utcai Kórház
Uzsoki u. 2941.
1145 Budapest
MAGYARORSZÁG
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Petfi Sándor u. 2628.
2500 Esztergom
MAGYARORSZÁG
Veszprém Megyei Tüdgyógyintézet
49/2. hrsz.
8582 Farkasgyep
MAGYARORSZÁG
Zala Megyei Kórház
Zrínyi M. út 1.
8900 Zalaegerszeg
MAGYARORSZÁG
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdkórház Nonprofit Korlátolt
Felelsség Társaság
Zsigmondy sétány 1.
7815 Harkány
MAGYARORSZÁG
Bajai Szent Rókus Kórház
Rókus u.10.
6500 Baja
MAGYARORSZÁG
Csornai Margit Kórház
Soproni u. 64.
9300 Csorna
MAGYARORSZÁG
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendel
Kossuth L. u. 6.
2510 Dorog
MAGYARORSZÁG
Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelintézet
Rákóczi út 125127.
2660 Balassagyarmat
MAGYARORSZÁG
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
Szentkirályi u. 21.
1088 Budapest
MAGYARORSZÁG
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Haller út 29.
1096 Budapest
MAGYARORSZÁG
Komlói Egészségcentrum
Majális tér 1.
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Mátrai Gyógyintézet
7151. hrsz.
3233 Gyöngyös-Mátraháza
MAGYARORSZÁG
Mezkövesd Városi Önkormányzat Rendelintézete
Mátyás király út 75.
3400 Mezkövesd
MAGYARORSZÁG
Meztúri Kórház és Rendelintézet
Kossuth u. 911.
5400 Meztúr
MAGYARORSZÁG
Mohácsi Kórház
Szepessy tér 7.
7700 Mohács
MAGYARORSZÁG
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Alkotmány út 2.
2840 Oroszlány
MAGYARORSZÁG
Országos Onkológiai Intézet
Ráth György u. 79.
1122 Budapest
MAGYARORSZÁG
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Mártírok útja 9.
3980 Sátoraljaújhely
MAGYARORSZÁG
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Szent István u. 68.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Szakorvosi Rendelintézet Gyömr
Szent István út 15.
2230 Gyömr
MAGYARORSZÁG
Szakorvosi Rendelintézet Nagykáta
Dózsa György út 46.
2760 Nagykáta
MAGYARORSZÁG
Zirci Erzsébet Kórház-rendelintézet
József Attila u. 1719
8420 Zirc
MAGYARORSZÁG
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Zrínyi u. 3.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Észak-dunántúli Regionális Mosoda Kft.
Vasvári Pál u. 1.
9024 Gyr
MAGYARORSZÁG
Koch Róbert Kórház és Rendelintézet
Dankó Pista u. 80.
3780 Edelény
MAGYARORSZÁG
Országos Sportegészségügyi Intézet
Alkotás út 48.
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Tisztiforvosi Hivatal
Albert Flórián út 26.
1097 Budapest
MAGYARORSZÁG
Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 1921.
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Parádfürdi Állami Kórház
Kossuth u. 221.
3244 Parád- Parádfürd
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerzdés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkér által a szerzdéshez rendelt elnevezés:
Villamos energia értékesítése az ajánlatkérnek minsül felhasználók
fogyasztási helyei számára.
II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A magyar villamos energia rendszer betáplálási
pontja.
Megrendel fenntartja a jogot, hogy a szerzdés idtartama alatti
szervezeti változás okán a (szerzdés melléklete szerinti) telephely
listát aktualizálja a toleranciasáv figyelembevételével. Errl
megrendel azonnali hatállyal értesíti eladót. Eladó vállalja, hogy
amennyiben a szerzdéses idszakban a felhasználási helyek számában
változás áll be, az új fogyasztói helyeken is biztosít villamos
energiát az ajánlati áron és feltételekkel a jelen szerzdésben foglalt
mennyiségig.
NUTS-kód HU1,HU2,HU3
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési
rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Villamosenergia-adásvételi szerzdés a fogyasztói csatlakozási pontokon
történ átvétellel a magyar villamosenergia-hálózaton folyamatosan
rendelkezésre álló villamos energia beszerzésére, szabadpiaci
feltételek szerint 1.4.2016., 0:00 órától 31.12.2017., 24:00 óráig
terjed idszakra, teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
szerzdés keretében, amely nem tartalmazza a rendszerhasználati
költségek elszámolását.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09310000
II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekbl áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerzdés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Villamos energia igény mennyisége: 241 885 300 KWh + 30 %/12 hónap.
Szerzdéses idszak szerzdött villamosenergia-mennyiség (KWh) (+30 %).
1.4.201631.12.2017. 241 885 300 KWh/év (max. 314 450 890 KWh/év).
Az azonos tárgyban folytatott késbbi közbeszerzési eljárás
eredménytelensége esetén az ajánlatkérként szerzd felek bármelyike
jogosult a szállítási szerzdés legfeljebb 3 hónappal történ
meghosszabbítására. A szerzdés jelen felhívás II.2.3) pontja szerinti
meghosszabbítása esetén eredeti szerzdött mennyiség nem változik.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerzdés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerzdések esetében a további szerzdések tervezett
ütemezése:
hónapban: 3 (a szerzdés megkötésétl számítva)
II.3)A szerzdés idtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.4.2016. Befejezés 31.3.2017
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mszaki információk
III.1)Az alvállalkozói szerzdéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerzdést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: a toleranciasáv alsó határáig le nem szállított
mennyiség ára, a szerzdéses ár 10%-ának megfelel egységáron.
Eladót kötbérfizetési kötelezettség terheli azon idszakra, amelyben
eladónak felróható okból vevnek nem áll rendelkezésre a
szerzdéstervezet 8.1. pontjában rögzített villamosenergia-mennyiség. A
kötbér mértéke ezen idszakra minden befejezett órára az érintett
vételezési hely havi nettó átlagos energiadíjának 1%-a.
Ha eladónak a 6. pontban tett jognyilatkozatai és szavatosság
vállalásai eleve hamisnak bizonyulnak, vev azonnali hatályú
felmondással élhet, a meghiúsulási kötbér pedig a toleranciasáv alsó
határáig le nem szállított mennyiség ára, a szerzdéses ár 40%-ának
megfelel egységáron.
Alulszállítási kötbér: követelése akkor merülhet fel ha eladó
tulajdonosi szerkezetében olyan változás áll be, aminek következtében
eladó a továbbiakban nem felel meg az átlátható szervezet a
szerzdéstervezet 7.1. pontban hivatkozott ismérveinek. Ebben az
esetben vev jogszabályi kötelezettsége, hogy az azonnali hatályú
felmondás jogával éljen. Ha eladó a változást a szerzdéstervezet 7.1
pontban foglalt kötelezettségét teljesítve maga jelenti be, az egyéb
jogkövetkezmények a szerzdéstervezet 14.1 pont és annak második
francia bekezdése szerint alakulnak (alulszállítási kötbér 10%-os
egységárral). Ha a változás vev ellenrzése nyomán derül ki, az egyéb
jogkövetkezmények a szerzdéstervezet 14.1. pont és annak negyedik
francia bekezdése szerint alakulnak (alulszállítási kötbér 40%-os
egységáron).
A kötbérek tekintetében irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A kötbérekkel kapcsolatos részletes feltételeket a szerzdéstervezet
tartalmazza.
A szerzdés idbeli hatálya alatt valamennyi Intézmény összes
felhasználási helyére vonatkozóan 241 885 300 kilowattóra +30 %-os
toleranciasáv. A toleranciasáv azt jelenti, hogy az intézmények
toleranciasávon belül történ együttes tényleges fogyasztása esetén
eladó nem érvényesíthet vevvel szemben semmiféle szankciót (pótdíj,
kötbér, kiegyenlít energia stb.).
III.1.2)F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérként szerzd fél elleget nem fizet. Az ajánlattétel, a
szerzdés és kifizetések pénzneme HUF, és nem köthet semmilyen más
külföldi fizeteszköz árfolyamához, sem a villamos energia tzsdei
árakhoz vagy egyéb tényez alakulásához. A ajánlattevként szerzd fél
a szerzdés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos
számviteli- és adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja
ki. A számla fizetési határideje (esedékesség napja) a számla
kézhezvételétl számított 30 nap. A számlát ajánlattevként szerzd
fél úgy köteles ajánlatkérként szerzd félhez eljuttatni, hogy a
ajánlattevként szerzd fél a számlát legkésbb a fizetési határid
lejárta eltt 24 nappal kézhez vehesse. Ajánlatkérként szerzd fél a
számlát banki átutalással egyenlíti ki. Ajánlattevként szerzd fél a
kiállított számláról a számlakiállítás napján elektronikus levél
mellékleteként elektronikus számlaképet küld, ajánlatkérként szerzd
féllel elzetesen leegyeztetett címre. Az ellenértéket havonta, utólag,
a felhasználási hely szerinti vételez intézmény (felhasználó)
egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Polgári
Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítési
feltételek figyelembevételével a nyertes ajánlattev a számlát a
tárgyhót követen kiállítva küldi meg ajánlatkérként szerzd félnek.
A számla kiállítása a tárgyhónapot követ hónap 15 napjáig vagy
munkaszüneti nap esetén az azt követ els munkanapon történik.
Ajánlatkér felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és
kiegyenlítése során az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az ajánlattev, mind az alvállalkozó
esetében alkalmazni kell.
A számlán az egyes teljesítési helyek elszámolt idszak szerinti
idszakos fogyasztását és a fogyasztói azonosítót,
mérésipont-azonosítót fel kell tüntetni teljesítési helyek szerinti
bontásban, feltüntetve továbbá az elszámolt idszakot, és a fogyasztás
alapú díjon felül tételesen a, pénzeszközök, energiaadó, elosztói
teljesítmény, elosztói alap illetve a medd energia díjakat. Az
ajánlatkérként szerzd fél a szerzdés teljesítésének elismerésérl
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésbb a
ajánlattevként szerzd fél teljesítésétl, vagy az errl szóló
írásbeli értesítés kézhezvételétl számított 15 napon belül írásban
köteles nyilatkozni.
Az ajánlatkérként szerzd fél késedelme esetén az Eladó a Ptk. 6:155.
§ (1) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A részletes fizetési feltételeket a szerzdéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tev nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkér nem teszi lehetvé projekttársaság létrehozását.
Ajánlatkér idszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is
elfogadja.
Ajánlatkér a nyertes ajánlattevtl nem követeli meg gazdálkodó
szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevknek együttmködési megállapodást kell kötniük egymással,
amelyben szabályozzák a közös ajánlattevk egymás közötti és az
ajánlatkérvel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a
következ kötelez elemeket kell tartalmaznia:
a közös ajánlattevket képvisel cég megnevezése és felhatalmazása a
közös ajánlattevk vezetésére, az ajánlatkérvel való
kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
a közös ajánlattevket képvisel természetes személy megjelölése és
aláírásmintája,
a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerzdés
teljesítésére,
a közös ajánlattevk egymás közti munkamegosztása,
pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkér a közös
ajánlattevk mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám
megjelölésével,
a felek egyértelm nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a
vállalkozási szerzdésben foglalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséig az együttmködési megállapodást e tartalmi elemein és a
tagok személyén nem változtatnak.
A szerzd tagok személye a szerzdés teljesítéséig csak akkor
változhat, ha ehhez ajánlatkér (megrendel) és amennyiben a beszerzés
támogatásból valósul meg, úgy a támogató szervezet elzetesen írásban
hozzájárult, és arra a hatályos jogszabályok lehetséget adtak.
Az együttmködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerzdés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 6/2008. (VI. 18.) KHEM
rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, mködésével és
használatával összefügg egyes adatszolgáltatásokról,
52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet a villamos energia elosztó és
egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhet, valamint
ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról,
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról,
64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati
díjak árszabályozásának kereteirl,
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati
díjakról és alkalmazásuk szabályairól,
63/2013. (X. 29.) NFM rendelet az átvételi kötelezettség alá es
villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történ
szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának
módjáról.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattev/részvételre jelentkez személyes helyzetére
vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó elírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének
a)b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)p) pontjában, továbbá (2)
bekezdésének a)b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását az
ajánlattevnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Alkr.) 215. § szerint kell igazolnia,
az ajánlattev köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzdés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok
hatálya alá es alvállalkozót.
Ajánlatkér ezúton hívja fel az ajánlattevk figyelmét, hogy az
ajánlati felhívás feladása napjánál nem régebbi igazolások és
nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkér.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: P/1. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján
ajánlattevnek csatolnia kell saját vagy jogeldje az ajánlati
felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatást tartalmazó
részének egyszer másolatát (ha a gazdasági szerepl letelepedése
szerinti ország joga elírja közzétételét), amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhet, a beszámoló adatait az
ajánlatkér ellenrzi (a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges).
Amennyiben az ajánlattev letelepedése szerinti ország joga nem írja
el beszámoló közzétételét, ajánlatkér elfogadja az ajánlattev, közös
ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag cégszeren aláírt
nyilatkozatát is az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelz 2
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó árbevétele (évenként
megbontva).
Ha az ajánlattev a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkér
által elírt teljes idszakban, mert az idszak kezdete után kezdte meg
mködését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételrl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A gazdasági szereplkre kizárólag egyenként vonatkoztatható
alkalmassági követelmény esetében elegend, ha annak a gazdasági
szereplk közül legalább egy teljes kören megfelel.
P/2. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevnek
csatolnia kell cégszer nyilatkozatát, amely tartalmazza az ajánlati
felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti év áfa nélkül
számított a közbeszerzés tárgyára (villamosenergia-értékesítés)
vonatkozó rendszerhasználati díj nélkül számított árbevételének
bemutatását (attól függen, hogy az ajánlattev mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)(8)
bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 27. §-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattev csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattev az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban elírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban elírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A minsített ajánlattevknek az Alkr. 19. § (7) szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
Ha az elbírálás során az ajánlatkérnek kétsége merül fel a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
megfelelen elírhatja a Alkr. 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, az együttes megfelelés
lehetsége értelmében elegend, ha közülük 1 felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevk bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelynek (amelyekne) igazolása
érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az szervezet, amelynek adatait az
ajánlattev a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkért az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszer másolati
formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas ajánlattev,
amennyiben az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelz 2 lezárt
üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogeldje mérleg szerinti eredménye
legalább az egyik évben 0 vagy pozitív volt, vagy az Alkr. 19. § (2) és
(3) bekezdés alapján mködésének ideje alatti nettó közbeszerzés
tárgyából (villamosenergia-kereskedelmi tevékenység) származó
árbevétele meghaladta a 700 000 000 HUF-ot, vagy ha az ajánlattev
letelepedése szerinti ország joga nem írja el beszámoló közzétételét,
akkor a közbeszerzés tárgyából (villamosenergia-kereskedelmi
tevékenység) származó árbevétele mindösszesen meghaladta a 700 000 000
HUF-ot.
P/2. Alkalmas az ajánlattev, amennyiben az ajánlati felhívás feladását
közvetlenül megelz 2 lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgya szerinti
(villamosenergia-értékesítés) rendszerhasználati díj nélkül számított
nettó árbevételének átlaga meghaladta a 700 000 000 HUF-ot.
Amennyiben ajánlattev beszámolóval vagy az árbevételrl szóló
irattal/nyilatkozattal nem, vagy nem az elírt idszakra vonatkozóan
rendelkezik, a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az Alkr.
19. § (2)(3) bekezdése szerint kell eljárnia.
III.2.3)Mszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelz 3 év legjelentsebb, jelen eljárás tárgyával megegyez
(villamosenergia-értékesítés) szállításainak ismertetését. Az
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés
idejét (év/hó megjelöléssel), a szerzdést köt másik fél megnevezését,
elérhetségét, a szállítás tárgyát megadva az értékesített villamos
energia mennyiségét kWh-ban , az ellenszolgáltatás összegét, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a
szerzdésnek megfelelen történt-e. Amennyiben az alkalmasságot
igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt.
Az ismertetést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)(8)
bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr. 27. §-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattev csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattev az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban elírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban elírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
A minsített ajánlattevknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevk bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása
érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is
támaszkodik.
Ajánlattevnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások
rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban elírt referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattev csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszer másolati
formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M./1. Alkalmatlan az ajánlattev (közös ajánlattev), ha nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelz 3 évbl (36 hónapból) legalább 1 db, legalább 12 havi
idtartamra szóló, a jelen beszerzés tárgyával azonos villamos energia
értékesítésére vonatkozóan teljesített szerzdéssel, amelynek keretében
legalább 150 000 000 KWh mennyiség és legalább nettó 200 000 000 HUF
érték villamos energia értékesítése valósult meg.
III.2.4)Fenntartott szerzdésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzdésekre vonatkozó
különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremköd személyek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezk
létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevk létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Elzetes tájékoztató
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [11]2015/S 031-052123 13.2.2015
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.2.2016 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határid
5.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezk
részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályamvek),
illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális idtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határid lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.2.2016 - 11:00
Hely:
Juratio Zrt., 1071 Budapest,Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz.,
tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.
§ (1)(4) és (6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1)A közbeszerzés ismétld jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétld jelleg: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Az írásbeli összegzés megküldésének tervezett idpontja: ajánlati
kötöttség határidején belül, az ajánlattételi határid lejártát követ
60 napon történik meg.
2. A szerzdéskötés tervezett idpontja: a szerzdéskötésre az eljárás
eredményérl szóló összegezés megküldésének napját követen, a Kbt.
131. § (6) bekezdése szerinti szerzdéskötési moratórium lejártát
követen kerül sor.
Hiánypótlás: ajánlatkér a hiánypótlást a Kbt. 71. § rendelkezéseivel
összhangban biztosítja. Ajánlatkér nem kíván a Kbt. 71. § (6)
bekezdésben meghatározott újabb hiánypótlás kizárást lehetvé tev
lehetséggel élni.
3. Ajánlatkérk: az I.1) pont szerinti ajánlatkér jelen közbeszerzési
eljárásban, a köztük fennálló megállapodás alapján más ajánlatkérk
nevében is eljár, ezen ajánlatkérk az ajánlati felhívás IV. pontjában
találhatóak. A szállítási szerzdések megkötése külön-külön történik,
azonban a fogyasztási kötbéralap meghatározása és az elszámolás
csoportszinten történik.
4. Ajánlati biztosíték: az ajánlatkér az eljárásban való részvételt
ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszer mértéke: 10 000
000 HUF.
Az ajánlati biztosíték teljesíthet óvadékként az elírt pénzösszegnek
az ajánlatkérként szerzd fél fizetési számlájára történ
befizetésével, átutalásával Magyar Államkincstár
10032000-01490576-00000000 vagy azzal azonos pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizet kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerzdés alapján kiállított
készfizet kezességvállalást tartalmazó az ajánlatkér mint jogosult
javára szóló kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlatok benyújtásának
határidejével. A teljesítést igazoló iratot az ajánlathoz kell
csatolni. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés
jogcímét (Ajánlati biztosíték Villamos energia értékesítése). Az
átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a bankgarancia-nyilatkozat,
illetleg a kötelezvény másolati példányát az ajánlatba befzve, a
bankgarancia nyilatkozat eredeti, vagy a kötelezvény eredeti példányát
pedig az ajánlathoz befzött lezárt borítékban kell csatolni.
Bankgarancia nyújtásakor kedvezményezettként az ajánlatkért kell
megnevezni, a bankgarancia-levélben fel kell tüntetni a beszerzés
tárgyát, és utalni kell a közbeszerzésekrl szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 54. § (2) bekezdésére. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség
lejártáig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. §
(6) bekezdés a)b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a
Kbt. 54. § (5) és (7) bekezdésére. Ajánlatkér az ajánlati biztosíték
után kamatot nem fizet.
5. Dokumentáció: az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció
átvétele: a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevnek
vagy alvállalkozónak el kell érnie.
A dokumentáció történ elérése az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt ajánlatkér térítésmentesen és teljes terjedelemben
közvetlenül, elektronikus úton hozzáférhetvé teszi az ajánlati
felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.
A dokumentáció elzetes regisztrációt követen letölthet a
[12]http://www.aeek.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/kozerdeku_adatok
/gazdalkodasi_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesieljarasok
oldalról és elérhet a KBA rendszeren keresztül. Fontos, hogy
ajánlattev helyesen adja meg e-mail címét, különben a visszaigazoló
levelet nem kapja kézhez.
A dokumentáció letöltésének feltétele, hogy annak letöltésekor a
dokumentációt kér írásban közölje a következ információkat:
cégnév,
cím,
telefonszám,
telefaxszám,
pontos e-mail cím,
kapcsolattartó neve,
közvetlen telefon és e-mail elérhetsége, továbbá
adószáma.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és
nem publikálható.
6. Az ajánlatkér azt tekinti az eljárás iránt érdekldését jelz
gazdasági szereplnek, aki az érdekldését írásban jelzi. Egyidejleg
meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során
használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkér a
Kbt.-ben elírt tájékoztatásokat küldi az érdekldését jelz gazdasági
szereplnek.
7. Kiegészít tájékoztatás: nyújtására a Kbt. 56. § (1)(6)
bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkér konzultációt, illetleg helyszíni bejárást nem szervez.
8. Formai kötöttség: az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti, papíralapú
és egy digitális másolat), a digitális másolatot elektronikus
adathordozón (pl. CD vagy DVD) jelszó nélkül olvasható .pdf (vagy egyéb
nem szerkeszthet) formátumban, a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelen kell elkészíteni és benyújtania.
Ajánlattevnek cégszeren nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott példánya a papíralapú, eredeti
példánnyal megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1)(4) és (6) bekezdése szerint
szerint kerül sor.
Eltérés esetén ajánlatkér a papíralapú példány tartalmát tekinti
irányadónak.
9. Igazolások formai feltételei: a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az
eredeti ajánlati példányban szerepl dokumentumok egyszer másolatban
is benyújthatók. Az ajánlatkér elírja az olyan nyilatkozat eredeti
vagy hiteles másolatban történ benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a kezességvállalási
nyilatkozat, ajánlati felhívás VI.3.5. pontja szerinti irat, és a Kbt.
66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti tartalommal.
11. Igazolások/Nyilatkozatok:
az ajánlatban meg kell jelölni azt az alvállalkozót, amelyet a
teljesítéskor már ajánlattev ismer,
az ajánlathoz csatolni kell eredeti példányban a Kbt. 66. § (2)
bekezdésére vonatkozó, valamint az (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat,
az ajánlathoz csatolni kell az abban szerepl bármely nyilatkozatot
aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9. § (1) és (2) bekezdése szerinti aláírási mintáját. Folyamatban lév
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást,
a cégkivonatban nem szerepl kötelezettségvállalók esetében a
cégjegyzésre jogosult személytl származó, ajánlat aláírására vonatkozó
írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító
erej magánokiratba foglalva,
az ajánlathoz csatolni kell, hogy az eljárással kapcsolatban az
ajánlatkér kiegészít tájékoztatását megkapta, azok elírásait az
ajánlat összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni kell),
ajánlathoz csatolni kell, ajánlattev nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az ajánlat
mely részében, továbbá a Kbt. 44. § alapján milyen indokok alapján kéri
ajánlattev az üzleti titokként kezelést),
ajánlattev általános szerzdéses feltételeit,
a Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal (MEKH), illetve
jogeldje által kiadott az ajánlattételi határid idpontjában érvényes
mködési engedélyét villamosenergia-kereskedelemre vonatkozóan,
cégszer nyilatkozatot,
1. vagy arra vonatkozóan, hogy ajánlattev rendelkezik az
ajánlattétel idpontjában érvényes rendszerirányító engedélyessel
kötött mérlegkör szerzdéssel, amely szerzdés alapján jogosult
mérlegkörfelelsként eljárni,
2. vagy arra vonatkozóan, hogy ajánlattev nem rendelkezik az
ajánlattétel idpontjában érvényes rendszerirányító engedélyessel
kötött mérlegkör szerzdéssel, de az ajánlattétel lejártának
idpontjában rendelkezik más mérlegkörfelelssel megkötött
megállapodáson keresztül olyan joggal, amely arra vonatkozik, hogy a
mérlegkörfelels helyett és nevében eljárva mérlegkör tagsági
megállapodást köthet,
a mérlegkör szerzdést, illetve mérlegkörfelelssel való megállapodás
esetén, a mérlegkörfelels által adott felhatalmazást, vagy mérlegkör
tagsági megállapodást,
ajánlattev által ajánlatkérvel kötend mérlegkör-tagsági szerzdés
tervezetét, amely ingyenesen biztosítja ajánlatkér számára a
mérlegköri tagságot, azonban a dokumentációban lév
szerzdéstervezetben foglaltakon túl további adatszolgáltatási,
nyilvántartási és fizetési, vagy fizetést eredményez egyéb
kötelezettséget nem tartalmazhat. Az ajánlatkérvel megkötend
mérlegkör tagsági szerzdés egyik rendelkezése sem lehet ellentétes a
jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend adásvételi
szerzdéssel. Az ajánlatkérvel megkötend mérlegkör tagsági
szerzdésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben az ajánlatkérvel
megkötend mérlegkör-tagsági szerzdés és a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötend adásvételi szerzdés egymással ellentétes
rendelkezés tartalmaz az adásvételi szerzdés az irányadó.
12. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati
felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid
lejártáig.
Az ajánlatok benyújtásának helye: Juratio Zrt., 1071 Budapest,
Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz. (dr. Király Róbert részére).
Az ajánlatkér csak a pontosan a megjelölt címen (helyiségben) leadott
ajánlatokat tekinti határidben beérkezettnek.
A postán vagy kézbesít futárral küldött ajánlatokat az ajánlatkér
csak akkor tekinti határidn belül benyújtottnak, ha részérl annak
kézhezvételére az e pontban feltüntetett épület megjelölt helyiségében
az ajánlattételi határid lejártáig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más
helyiségében történ leadásából, elirányításából, elvesztésébl és az
esetlegesen ennek következtében fellép késedelembl ered kockázat
teljes mértékben az ajánlattevt terheli.
13. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
értékelési szempontja alapján történik.
14. Minsített ajánlattevk: a minsített ajánlattevk hivatalos
jegyzékébe történ felvételének feltételét képez minsítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a követelmények: III.2.2. és III.2.3.
pont.
15. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevnek a kizáró okokkal
kapcsolatban a formanyomtatványban nyilatkoznia kell arról, hogy a
székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok,
szervezetek bocsátják ki.
Nevezett nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja,
hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul.
Ezen szervezetektl kell olyan igazolást benyújtani, amelybl
megállapítható, hogy az ajánlattev nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
16. Az ajánlatkér csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerzdést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következ legkedvezbb ajánlatot tevnek minsített
szervezettel (személlyel), ha t az összegezésben megjelölte.
17. Fordítás: amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az ajánlattev magyar nyelv fordításban is köteles becsatolni.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkér a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattev általi felels fordítását is
elfogadja.
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattev felel.
18. Pénznem: ajánlatkér az alkalmasság megállapításához szükséges
pénzügyi adatokat annak szükségessége esetén a Magyar Nemzeti
Banknak, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos
deviza középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra.
Amennyiben az ajánlatban az energiahordozó elszámolása devizaalapú
(USD, EUR) és a költségek fizetése HUF-ban történik, úgy az
energiaköltségek számításakor a felhívás feladásának napján érvényes
MNB hivatalos deviza-középárfolyamai figyelembevétele szükséges.
19. A felhívás II.2.3 pontjának kiegészítése: az azonos tárgyban
folytatott késbbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az
ajánlatkérként szerzd felek bármelyike jogosult a szállítási
szerzdés legfeljebb 3 hónappal történ meghosszabbítására. A szerzdés
jelen felhívás II.2.3) pontja szerinti meghosszabbítása esetén eredeti
szerzdött mennyiség nem változik.
20. Irányadó id: a teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban
valamennyi órában megadott határid közép-európai id magyarországi
helyi id szerint értend.
21. Irányadó jog: jelen ajánlati felhívásban, valamint a
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrl szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
22. Az egyes ajánlatkérk szerzdései a beszerzés tárgyára vonatkozó
hatályban lév szerzdéseik lejártától függen lépnek hatályba.
23. A jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában a teljesítés kezdete
vonatkozásában megjelölt határid tájékoztató jelleg, amely a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénynek a kereskedváltásra
vonatkozó rendelkezéseire, valamint a közbeszerzésekrl szóló 2015. évi
CXLIII. törvény által meghatározott, elre nem kalkulálható eljárási
cselekményekre tekintettel változhat.
24. Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak beérkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást.
25. Ajánlatkér felhívja az ajánlattevk figyelmét arra, hogy a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése
alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az
engedély meglétét az ajánlatkér a Magyar Energetikai és
Közm-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenrzi. Ajánlattev az
ajánlatához csatolja a Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal
által kiadott, villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzésére
vonatkozó engedélyét vagy cégszer nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
szerepel a MEKH internetes honlapján szerepl internetes listán.
Amennyiben az ajánlattev nem rendelkezik engedéllyel, úgy ezen
körülmény az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
26. Az ajánlati ár nettó energia fix díj (energiadíj). Az energiadíjnak
tartalmaznia kell az alábbi díjakat:
az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia árát, az Eladó
mérlegkör tagsági díját, a határkeresztez kapacitás díját, kiegyenlít
energia díját.
Ajánlati ár nem tartalmazza 63/2013 (X.29.) NFM rendeletben
meghatározott átvételi kötelezettség alá es villamos energia költségét
(KÁT díjat).
A Keresked az összes elfogyasztott villamos energiához képest a KÁT
villamos energia mennyiségét minden hónapban a MAVIR Zrt. által
közzétett arányszám alapján határozza meg.
Ezen KÁT villamosenergia-mennyiséget a keresked minden hónapban a
MAVIR Zrt. által közzétett áron tovább számlázza,
intézmények/fogyasztási helyek felé.
Az ajánlati ár nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-a alapján fizetend MAVIR pénzeszközök
díját (szénipari szerkezetátalakítási támogatás, iparági nyugdíjasok
kedvezménye és kapcsolt termelésszerkezet átalakítási díj), a 2003. évi
LXXXVIII. tv. alapján fizetend energiaadót, az áfat, és a 11/2014.
(XII. 13.) MEKH rendeletben elírt általános rendszerhasználati
díjakat.
A teljesítés idején esetlegesen hatályba lép új jogszabályok, kötelez
elírások alkalmazandóak a teljesítés során az adásvételi szerzdés
módosítása nélkül.
27. Ajánlattevknek az ajánlati árat nettó HUF/1 kWh egységben kell
megadniuk.
28. Ajánlatkér tájékoztatja az ajánlattevket, hogy a 2016. évben
kedvezményes villamosenergia-felhasználásra jogosult költségvetési
intézmények kijelölésérl szóló 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
tekintetében az ÁEEK fenntartása alá tartozó alábbi ajánlatkérként
szerepl intézmények érintettek:
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, 8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 3. ,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház,
Nyíregyháza Szent István út 68.,
Petz Aladár Megyei Oktatókórház, 9024 Gyr Vasvári Pál u. 24.,
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktatókórháza, 6000 Kecskemét Nyíri út 38.,
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, 7400 Kaposvár Talián Gyula u.
2032.,
Kenézy Gyula Kórház és Rendelintézet, 4031 Debrecen Bartók Béla u.
226.
29. Ajánlatkér az eljárást folyamatba épített ellenrzés mellett
folytatja le.
30. A beszerzés tárgyának jellege és a szerzdéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetvé a részekre történ ajánlattételt arra
tekintettel, hogy az egységes, hatékony, átlátható, kiszámítható
ellátás céljának elérése nem lenne biztosítható ugyanis a
részajánlattétel lehetsége magában rejti több nyertes ajánlattev,
több szerzd fél megjelenését, amely a szerzdésszer teljesítés
ellenrzésének lehetségeit nagymértékben nehezíti.
Az egészében nagy mennyiség villamosenergia-mennyiség feltételezi a
minél kedvezbb ár elérését, azonban ezen összmennyiség szétbontásával
egy szerzdésre jutó mennyiség már lényegesen kevesebb lenne, amely
árfelhajtó hatással járna.
31. Ajánlatkér azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját, mert a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatás a dokumentáció részét képez mszaki leírásban konkrétan
meghatározott követelményeknek kell hogy megfeleljen, és a gazdaságilag
legelnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minségi
jellemzk nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
32. A hirdetmény a közbeszerzésekrl szóló 2014/24/EU irányelv alapján
kerül közzétételre.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [13]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: [14]www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
következ szervtl szerezhet be
Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [15]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: [16]www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának idpontja:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Krankenhausbetten - BE-Gent
Krankenhausbetten
Dokument Nr...: 20073-2016 (ID: 2016012109065658270)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
BE-Gent: Krankenhausbetten
2016/S 14/2016 20073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
TMVW servicelijnen
Stropstraat 1
Kontaktstelle(n): Divisie Aankoop
Zu Händen von: Stefanie Van Laere
9000 Gent
BELGIEN
Telefon: +32 92410659
E-Mail: [4]aankoop@farys.be
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=224178
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33192120
Beschreibung
Krankenhausbetten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Wissner-Bosserhoff
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
BELGIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 700 000 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:aankoop@farys.be?subject=TED
5. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224178
OT: 21/01/2016 S14 - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare
procedure
België-Gent: Ziekenhuisbedden
2016/S 014-020073
Aankondiging van een gegunde opdracht
Leveringen
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
TMVW servicelijnen
Stropstraat 1
Contactpunt(en): Divisie Aankoop
Ter attentie van: Stefanie Van Laere
9000 Gent
BELGIË
Telefoon: +32 92410659
E-mail: [6]aankoop@farys.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel:
[7]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=224178
I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: intercommunale
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
NUTS-code BE2
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
33192120
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 50
2. Kwaliteit. Weging 35
3. Beschikbaarheid, omvang en meerwaarden van het gamma. Weging 15
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
TMVW A-AD-ALL-15-10-56 P1 BIS-F03
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [8]2015/S 147-270222 van
1.8.2015
Afdeling V: Gunning van een opdracht
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
6.1.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Wissner-Bosserhoff
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
BELGIË
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 700 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
BELGIË
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: [9]http://www.raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349499
VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een
beroep: 15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid of 60 dagen voor het annulatie-beroep, te rekenen
vanaf de betekening van de beslissing.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
BELGIË
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: [10]http://www.raadvst-consetat.be
Fax: +32 22349499
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Gasöle - ES-Madrid
Gasöle
Dokument Nr...: 20173-2016 (ID: 2016012109074658369)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
ES-Madrid: Gasöle
2016/S 14/2016 20173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
CIEMAT
av. Complutense, 40
Zu Händen von: Mª Carmen García Herranz
28071 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 913466302
E-Mail: [4]mcarmen.garcia@ciemat.es
Fax: +34 913466427
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.ciemat.es
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09134000
Beschreibung
Gasöle.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 260 000 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 264.410
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
p.º de la Castellana, 259 A
28046 Madrid
SPANIEN
Fax: +91 3749276
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 260 000 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 260 000 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:mcarmen.garcia@ciemat.es?subject=TED
5. http://www.ciemat.es/
OT: 21/01/2016 S14 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Procedimiento abierto
España-Madrid: Gasóleos
2016/S 014-020173
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
CIEMAT
av. Complutense, 40
A la atención de: Mª Carmen García Herranz
28071 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 913466302
Correo electrónico: [6]mcarmen.garcia@ciemat.es
Fax: +34 913466427
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]www.ciemat.es
I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Otros: investigación
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Suministro de gasóleo C (calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el
año 2016.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Código NUTS
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Suministro de gasóleo C (calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el
año 2016.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
09134000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 260 000 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
264410
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: [8]2015/S 187-338250 de 26.9.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 264.410 Denominación: Suministro de gasóleo C
(calefacción) para el CIEMAT-Madrid, durante el año 2016
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
11.12.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
p.º de la Castellana, 259 A
28046 Madrid
ESPAÑA
Fax: +91 3749276
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 260 000 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 260 000 EUR
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Recurso
especial de Contratación) o Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo (contencioso)
28071 Madrid
ESPAÑA
Dirección Internet: [9]www.ciemat.es
VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Especial de
contratación: 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de
adjudicación.
Contencioso administrativo: 2 meses desde la notificación de la
correspondiente resolución.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
CIEMAT
28071 Madrid
ESPAÑA
Dirección Internet: [10]www.ciemat.es
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros - FR-La Valette-du-Var
Dienstleistungen von Architekturbüros
Dokument Nr...: 20273-2016 (ID: 2016012109084058462)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
FR-La Valette-du-Var: Dienstleistungen von Architekturbüros
2016/S 14/2016 20273
Société publique locale méditerranée (SPLM), Place Général de Gaulle
immeuble Médival entrée B-, Zu Händen von: Monsieur le directeur
général, La Valette-du-Var 83160, FRANKREICH. Telefon: +33 494141003.
Fax: +33 494141001. E-Mail: service.immobilier@semexval.fr
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 16.1.2016, [1]2016/S
011-015412)
Betr.:
CPV:71200000
Dienstleistungen von Architekturbüros
Anstatt:
II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
(...)
Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
Pablo Picasso sur la Commune de la Valette du Var. Une ancienne
construction se situe actuellement sur la parcelle AX 250 et devra donc
être démolie.
(...)
muss es heißen:
II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
(...)
Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
Pablo Picasso sur la Commune de La Valette du Var. Une ancienne
construction se situe actuellement sur la parcelle AX 192 et devra donc
être démolie.
(...)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:015412-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016 S14 - - Services - Informations complémentaires -
Procédure restreinte
France-La Valette-du-Var: Services d'architecture
2016/S 014-020273
Société publique locale méditerranée (SPLM), Place Général de Gaulle
immeuble Médival entrée B-, À l'attention de: Monsieur le directeur
général, La Valette-du-Var 83160, FRANCE. Téléphone: +33 494141003.
Fax: +33 494141001. E-mail: service.immobilier@semexval.fr
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.1.2016,
[1]2016/S 011-015412)
Objet:
CPV:71200000
Services d'architecture
Au lieu de:
II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
(...)
Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
Pablo Picasso sur la Commune de la Valette du Var. Une ancienne
construction se situe actuellement sur la parcelle AX 250 et devra donc
être démolie.
(...)
Lire:
II.1.5) Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
(...)
Le projet immobilier se situe a minima sur les parcelles cadastrées AX
191, 192 et 520, d'une contenance de 7 343 m², le long de l'avenue
Pablo Picasso sur la Commune de La Valette du Var. Une ancienne
construction se situe actuellement sur la parcelle AX 192 et devra donc
être démolie.
(...)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisen bahnen; Nivellierungsarbeiten - SE-Herrljunga
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Glasfasermaterial
Glasfaserkabel für die Datenübertragung
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
Aushubarbeiten
Rohrverlegearbeiten
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
Mit dem Fernmeldewesen verbundene Arbeiten
Schweißarbeiten
Installation von Computerkabelnetzen
Dokument Nr...: 20373-2016 (ID: 2016012109092958557)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
SE-Herrljunga: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisen
bahnen; Nivellierungsarbeiten
2016/S 14/2016 20373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Skölvene Fiber ekonomisk förening
Zu Händen von: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SCHWEDEN
E-Mail: [4]jan.altergard@tele2.se
Weitere Auskünfte erteilen: Skölvene Fiber ekonomisk förening
Zu Händen von: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SCHWEDEN
E-Mail: [5]jan.altergard@tele2.se
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: TendSign
Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Skölvene Fiber
ekonomisk förening
Zu Händen von: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SCHWEDEN
E-Mail: [7]jan.altergard@tele2.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45230000, 32560000, 32562300, 45112000, 45112400, 45231110, 45232300,
45232332, 45262680, 45314320
Beschreibung
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
Glasfasermaterial.
Glasfaserkabel für die Datenübertragung.
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
Aushubarbeiten.
Rohrverlegearbeiten.
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und
Fernmeldeleitungen.
Mit dem Fernmeldewesen verbundene Arbeiten.
Schweißarbeiten.
Installation von Computerkabelnetzen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
5. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
7. mailto:jan.altergard@tele2.se?subject=TED
OT: 21/01/2016 S14 - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Herrljunga: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar,
kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och
järnvägar; mark- och grundarbeten
2016/S 014-020373
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Skölvene Fiber ekonomisk förening
Att: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SVERIGE
E-post: [6]jan.altergard@tele2.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Skölvene Fiber ekonomisk
förening
Att: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SVERIGE
E-post: [7]jan.altergard@tele2.se
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: TendSign
Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=93463&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Skölvene Fiber
ekonomisk förening
Att: Jan Altergård
SE-524 92 Herrljunga
SVERIGE
E-post: [9]jan.altergard@tele2.se
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Annan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Totalentreprenad passivt bredbandsfibernät.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 5: Telekommunikationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Herrljunga.
NUTS-kod SE232
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Plöjning/grävning av fiberslang, kopplingsskåp, brunnar m.m.
Blåsning av fiber, kontaktering, GPS-inmätning etc.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45230000, 32560000, 32562300, 45112000, 45112400, 45231110, 45232300,
45232332, 45262680, 45314320
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
16/1
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
15.2.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 15.5.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dimfskpg
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen un d audiovisuellen Anlagen - LV-Riga
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovis
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 20473-2016 (ID: 2016012109104258671)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
LV-Riga: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen un
d audiovisuellen Anlagen
2016/S 14/2016 20473
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
Brvbas iela 49/53
Kontaktstelle(n): Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
Zu Händen von: Ieva Rudzte
Rga, LV-1010
LETTLAND
Telefon: +371 67105780
E-Mail: [4]ieva.rudzite@riga.lv
Fax: +371 67037023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.riga.lv
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50300000, 72000000
Beschreibung
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit
Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen
Anlagen.
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 3.3.2016 - 11:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 11:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Lettisch.
References
4. mailto:ieva.rudzite@riga.lv?subject=TED
5. http://www.riga.lv/
6. https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
OT: 21/01/2016 S14 - - Pakalpojumi - Paziojums par lgumu - Atklta
procedra
Latvija-Rga: Remonta, tehnisks apkopes un saisttie pakalpojumi
attiecb uz personlajiem datoriem, biroja iekrtm, telekomunikcijm
un audiovizulajm iekrtm
2016/S 014-020473
Paziojums par lgumu
Pakalpojumi
Direktva 2004/18/EK
I iedaa: Lgumsldzja iestde
I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
Brvbas iela 49/53
Kontaktpunkts(-i): Rgas domes Informcijas tehnoloiju centrs
Kontaktpersona(-as): Ieva Rudzte
Rga, LV-1010
LATVIJA
Tlrunis: +371 67105780
E-pasts: [6]ieva.rudzite@riga.lv
Fakss: +371 67037023
Interneta adrese(-s):
Lgumsldzjas iestdes galven adrese: [7]http://www.riga.lv
Pircja profila adrese:
[8]https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER
Papildu informciju var saemt: iepriek mintaj(-os)
kontaktpunkt(-os)
Specifikcijas un papildu dokumentus (ar dokumentus attiecb uz
konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistmu) var saemt: iepriek
mintaj(-os) kontaktpunkt(-os)
Piedvjumi vai dalbas pieteikumi jsta: iepriek mintaj(-os)
kontaktpunkt(-os)
I.2)Lgumsldzjas iestdes veids
Reionla vai vietja iestde
I.3)Galven darbbas joma
Visprji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Lguma slganas tiesbu pieirana citu lgumsldzju iestu
vrd
Lgumsldzja iestde veic iepirkumu citu lgumsldzju iestu vrd:
n
II iedaa: Lguma priekmets
II.1)Apraksts
II.1.1)Lgumsldzjas iestdes pieirtais lguma nosaukums:
Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
optimizcija.
II.1.2)Lguma veids un bvdarbu veikanas, piegdes vai pakalpojumu
snieganas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 1: Apkopes un remonta pakalpojumi
Galven bvdarbu veikanas vieta, piegdes vai pakalpojumu snieganas
vieta: Rga.
NUTS kods LV006
II.1.3)Informcija par publisko iepirkumu lgumu, visprgo vienoanos
vai dinamisko iepirkumu sistmu (DIS)
Paziojums paredz publisk iepirkuma lgumu
II.1.4)Informcija par visprgo vienoanos
II.1.5)ss lguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
optimizcija.
II.1.6)Kopj publisk iepirkuma vrdnca (CPV)
50300000, 72000000
II.1.7)Informcija par Valsts iepirkuma nolgumu (GPA)
Lgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolgums (GPA): j
II.1.8)Daas
Lgums ir sadalts das: n
II.1.9)Informcija par variantiem
II.2)Lguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopjais daudzums vai apjoms:
Rgas domes informcijas tehnoloiju pakalpojumu prvaldbas
optimizcija.
Paredzam vrtba bez PVN: 990 000 EUR
II.2.2)Informcija par iespjm
Iespjas: n
II.2.3)Informcija par atjaunoanu
Lgumu var atjaunot: n
II.3)Lguma darbbas laiks vai izpildes termi
Ilgums mneos: 60 (no lguma slganas tiesbu pieiranas dienas)
III iedaa: Juridisk, saimniecisk, finansil un tehnisk informcija
III.1)Ar lgumu saisttie nosacjumi
III.1.1)Prasts iemaksas un garantijas:
Saska ar nolikuma 1.6. punktu.
III.1.2)Galvenie finansanas nosacjumi un maksjumu krtba un/vai
atsauce uz attiecgajiem noteikumiem, kas tos reglament:
Saska ar nolikuma 6. punkt ietvert lguma projekta 4. punktu.
III.1.3)Juridisk forma, kd japvienojas uzmju grupai, kurai
paredzts pieirt lguma slganas tiesbas:
III.1.4)Citi konkrti nosacjumi
Uz lguma izpildi attiecas pai nosacjumi: n
III.2)Dalbas nosacjumi
III.2.1)Uzmju personiskais stvoklis, ieskaitot prasbas attiecb
uz iekauanu profesionlajos vai amatniecbas reistros
Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
prasbas ir izpildtas: Saska ar nolikuma 3. punktu.
III.2.2)Saimniecisks un finansils spjas
Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
prasbas ir izpildtas: Saska ar nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktiem.
Standartu minimums, kas vartu bt jizpilda: Saska ar nolikuma
4.2.1. punktu.
III.2.3)Tehnisks spjas
Informcija un formalittes, kas nepiecieamas, lai izvrttu, vai
prasbas ir izpildtas:
Saska ar nolikuma 4.1.3. 4.1.8. punktiem.
Standartu minimums, kas vartu bt jizpilda:
Sask ar nolikuma 4.2.2. 4.2.6. punktiem.
III.2.4)Informcija par privileto tiesbu lgumiem
III.3)pai nosacjumi pakalpojumu lgumiem
III.3.1)Informcija par konkrto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrts profesijas prstvjiem:
n
III.3.2)Personls, kas atbildgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskm vienbm jnorda par pakalpojuma izpildi atbildgo
darbinieku vrdi un profesionl kvalifikcija: n
IV iedaa: Procedra
IV.1)Procedras veids
IV.1.1)Procedras veids
Atklta
IV.1.2)Ierobeojumi attiecb uz uzmju skaitu, ko uzaicins iesniegt
piedvjumus vai piedalties
IV.1.3)Uzmju skaita samazinana sarunu vai dialoga laik
Piemro procedru, ko dala posmos, lai pakpeniski samazintu
apsprieamo risinjumu vai piedvjumu skaitu n
IV.2)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
IV.2.1)Lguma slganas tiesbu pieiranas kritriji
Viszemk cena
IV.2.2)Informcija par elektronisko izsoli
Tiks piemrota elektronisk izsole: n
IV.3)Administratv informcija
IV.3.1)Identifikcijas numurs, ko pierusi lgumsldzja iestde:
RDITC 2016/002
IV.3.2)Iepriekja(-as) publikcija(-as) par o pau lgumu
n
IV.3.3)Nosacjumi specifikciju un papildu dokumentu vai apraksto
dokumenta saemanai
Termi dokumentu pieprasjumu saemanai vai piekuvei dokumentiem:
3.3.2016 - 11:00
Dokumenti ir par samaksu: n
IV.3.4)Piedvjumu vai dalbas pieteikumu saemanas termi
3.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Datums, kad atlastajiem kandidtiem nostts dalbas vai
piedvjumu iesnieganas uzaicinjums
IV.3.6)Valoda(-as), kur(-s) var sagatavot projektu vai dalbas
pieteikumu
latvieu valoda.
IV.3.7)Minimlais laika posms, kura laik pretendentam juztur
piedvjums
IV.3.8)Piedvjumu atvranas nosacjumi
Datums: 3.3.2016 - 11:00
Vieta:
Rga, Brvbas iela 49/53.
Personas, kurm ir atauts piedalties piedvjumu atvran: j
Papildu informcija par personm, kurm atauts piedalties piedvjumu
atvran, un par piedvjumu atvranu: Visas ieinterests personas.
VI iedaa: Papildinformcija
VI.1)Informcija par periodiskumu
is ir krtjais iepirkums: n
VI.2)Informcija par Eiropas Savienbas fondiem
Lgums ir saistts ar projektu un/vai programmu, ko finans no Eiropas
Savienbas fondiem: n
VI.3)Papildu informcija
VI.4)Prsdzbas procedras
VI.4.1)Struktra, kas atbildga par prsdzbas procedrm
Iepirkumu uzraudzbas birojs
Eksporta iela 6
RgaLV-
LATVIJA
E-pasts: [9]pasts@iub.gov.lv
Tlrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.4.2)Prsdzbu iesniegana
VI.4.3)Iestde, kur var saemt informciju par prsdzbu iesnieganu
Iepirkumu uzraudzbas birojs
Eksporta iela 6
RgaLV-
LATVIJA
E-pasts: [10]pasts@iub.gov.lv
Tlrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.5) paziojuma nostanas datums:
13.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - FR-Bayonne
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 20573-2016 (ID: 2016012109114958769)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
FR-Bayonne: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
2016/S 14/2016 20573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
CCI de Bayonne Pays Basque
50-51 allées Marines
Kontaktstelle(n): CCI Bayonne Pays Basque
Zu Händen von: M. Bedere Jean-Philippe
64100 Bayonne
FRANKREICH
Telefon: +33 559465905
E-Mail: [4]j.bedere@bayonne.cci.fr
Fax: +33 559465991
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.bayonne.cci.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77310000
Beschreibung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Basterrak Espaces Verts
14 avenue de Biarritz
64600 Anglet
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 8 905 EUR
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SARL Atout Vert
289 route Départementale 817
64300 Argagnon
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 7 504,50 EUR
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SARL Atout Vert
289 route Départementale 817
64300 Argagnon
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 26 484,30 EUR
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Bazterrak Espaces Verts
14 avenue de Biarritz
64600 Anglet
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 285 EUR
References
4. mailto:j.bedere@bayonne.cci.fr?subject=TED
5. http://www.bayonne.cci.fr/
6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 21/01/2016 S14 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Bayonne: Réalisation et entretien d'espaces verts
2016/S 014-020573
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
CCI de Bayonne Pays Basque
50-51 allées Marines
Point(s) de contact: CCI Bayonne Pays Basque
À l'attention de: M. Bedere Jean-Philippe
64100 Bayonne
FRANCE
Téléphone: +33 559465905
E-mail: [6]j.bedere@bayonne.cci.fr
Fax: +33 559465991
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.bayonne.cci.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Accès électronique à l'information:
[9]http://www.marches-publics.gouv.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: Appui aux entreprises, formation, gestion d'équipements
portuaires
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Marché d'entretien des espaces verts de la CCI de Bayonne Pays Basque.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Marché d'entretien des espaces verts de la CCI de Bayonne Pays Basque.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique nombre de salariés attachés à la mission.
Pondération 10
2. Valeur technique moyens techniques et matériels utilisés.
Pondération 10
3. Valeur technique méthodologie de travail proposée et méthodologie
de suivi et de contrôle de la bonne exécution du marché. Pondération 20
4. Prix. Pondération 40
5. Qualité environnementale, santé et sécurité de l'offre. Pondération
20
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
CCIBAYESPVERTS2015
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 168-306821 du 1.9.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Basterrak Espaces Verts
14 avenue de Biarritz
64600 Anglet
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 8 905 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 2 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SARL Atout Vert
289 route Départementale 817
64300 Argagnon
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 7 504,50 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 3 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SARL Atout Vert
289 route Départementale 817
64300 Argagnon
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 26 484,30 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 4 - Intitulé: Selon dispositions du cahier des charges
V.1)Date d'attribution du marché:
4.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Bazterrak Espaces Verts
14 avenue de Biarritz
64600 Anglet
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 3 285 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-132376, mise en ligne le 27.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
64010 Pau
E-mail: [12]greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
64010 Pau
E-mail: [13]greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4)Date denvoi du présent avis:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Behindertenfürsorgeleistungen - RO-Targoviste
Behindertenfürsorgeleistungen
Dokument Nr...: 20673-2016 (ID: 2016012109124358865)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
RO-Targoviste: Behindertenfürsorgeleistungen
2016/S 14/2016 20673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Str. I. C. Vissarion nr. 1
Zu Händen von: Ionela Prunache
130011 Targoviste
RUMÄNIEN
Telefon: +40 245217686 / 245614615
E-Mail: [4]ionela_prunache@yahoo.com
Fax: +40 245614623
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.dgaspcdb.ro
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
85311200
Beschreibung
Behindertenfürsorgeleistungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 620 424 RON
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 115144
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Fundatia Cara Bella International
Str. Acad. Serban Cioculescu nr. 40
135200 Gaesti
RUMÄNIEN
E-Mail: [6]gtomescu57@yahoo.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 671 055 RON
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 620 424 RON
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:ionela_prunache@yahoo.com?subject=TED
5. http://www.dgaspcdb.ro/
6. mailto:gtomescu57@yahoo.com?subject=TED
OT: 21/01/2016 S14 - - Servicii - Anunt de atribuire - Procedur de
negociere
România-Targoviste: Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
2016/S 014-020673
Anun de atribuire a contractului
Servicii
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Str. I. C. Vissarion nr. 1
În atenia: Ionela Prunache
130011 Targoviste
ROMÂNIA
Telefon: +40 245217686 / 245614615
E-mail: [6]ionela_prunache@yahoo.com
Fax: +40 245614623
Adres (adrese) Internet:
Adresa general a autoritii contractante: [7]www.dgaspcdb.ro
I.2)Tipul autoritii contractante
Altele: institutie publica
I.3)Activitate principal
Protecie social
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului
Servicii sociale rezidentiale de tip familial pentru copii cu
dizabilitati
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 25: Servicii de sntate i asisten social
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Gaesti.
Cod NUTS RO313
II.1.3)Informaii privind acordul-cadru sau sistemul de achiziie
dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Servicii sociale rezidentiale de tip familial pentru copii cu
dizabilitati.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
85311200
II.1.6)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): nu
II.2)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea total final a contractului sau a contractelor
Valoare: 620 424 RON
Fr TVA
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Negociere cu publicarea unei convocri la licitaie
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
S-a organizat o licitaie electronic: nu
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant
79063
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
nu
Seciunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 115144 Denumire: Servicii sociale rezidentiale de tip
familial pentru copii cu dizabilitati
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
4.1.2016
V.2)Informaii privind ofertele
Numrul de oferte primite: 1
V.3)Numele i adresa operatorului economic în favoarea cruia s-a luat
o decizie de atribuire a contractului
Fundatia Cara Bella International
Str. Acad. Serban Cioculescu nr. 40
135200 Gaesti
ROMÂNIA
E-mail: [8]gtomescu57@yahoo.com
V.4)Informaii privind valoarea contractului
Estimarea iniial a valorii totale a contractului:
Valoare: 671 055 RON
Fr TVA
Valoarea total final a contractului:
Valoare: 620 424 RON
Fr TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numrul de ani: 1
V.5)Informaii privind subcontractarea
Este posibil subcontractarea: nu
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informaii suplimentare:
VI.3)Ci de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru cile de atac
VI.3.2)Utilizarea cilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
VI.4)Data expedierii prezentului anun:
18.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Forschungslabordienste - PL-Warschau
Forschungslabordienste
Dokument Nr...: 2073-2016 (ID: 2016010509112339418)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
PL-Warschau: Forschungslabordienste
2016/S 2/2016 2073
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gówny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
Zu Händen von: Tabor Maria
00-082 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 224410733
E-Mail: [5]tabor@gif.gov.pl
Fax: +48 224410737
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.gif.gov.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
73111000
Beschreibung
Forschungslabordienste .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Narodowy Instytut Leków
ul Chemska 30/34
00-725 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 228514376
Internet-Adresse: [7]www.nil.gov.pl
Fax: +48 224810652
V.4)Angaben zum Auftragswert
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLEN
E-Mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: [9]www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
References
5. mailto:tabor@gif.gov.pl?subject=TED
6. http://www.gif.gov.pl/
7. http://www.nil.gov.pl/
8. mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
9. http://www.uzp.gov.pl/
OT: 05/01/2016 S2 - - Usugi - Ogoszenie o dobrowolnej
przejrzystoci ex ante - Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Polska-Warszawa: Laboratoryjne usugi badawcze
2016/S 002-002073
Ogoszenie o dobrowolnej przejrzystoci ex ante
Niniejsze ogoszenie objte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca/podmiot zamawiajcy
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gówny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
Osoba do kontaktów: Tabor Maria
00-082 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224410733
E-mail: [6]tabor@gif.gov.pl
Faks: +48 224410737
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej/ podmiotu zamawiajcego:
[7]www.gif.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
regionalne i lokalne
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiajcych
Instytucja zamawiajca/podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu
innych instytucji/podmiotów zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Planowe badania jakociowe produktów leczniczych w 2016r :a) pod ktem
sfaszowania produktów leczniczych b) w ramach kontroli planowej z
rynku podmioty odpowiedzialne.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 8: Usugi badawcze i rozwojowe
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Planowe badania jakoci produktów leczniczych w 2016 roku
Przedmiotem zamówienia jest zadanie okrelone w decyzji Dyrektora
Generalnego z dnia 1 grudnia 2015 roku znak GIF-BGG-ZAG-271/4/MT/2015
Prowadzenie kontroli planowej bada produktów leczniczych znajdujcych
si w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub produktów
leczniczych, w tym weterynaryjnych wytwarzanych lub importowanych na
terytorium RP okrelone w dokumentacji do celów prowadzonego
postpowania przetargowego jako:
Planowe badania jakoci produktów leczniczych w 2016 roku:
w zakresie podejrzenia sfaszowania produktów leczniczych A
w ramach kontroli planowej z rynku (podmioty odpowiedzialne) B
badania substancji czynnych w przypadku podejrzenia wady jakociowej
lub sfaszowania
badania produktu leczniczego w przypadku podejrzenia wady jakociowej
lub sfaszowania
(kod usugi wg CPV Wspólnego sownika zamówie zgodnie z
rozporzdzeniem 213/2008 UE 73111000-3 Laboratoryjne usugi
badawcze).
Zgodnie z przepisem art. 115 pkt 5a ustawy z dnia 6.09.2001 Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z pón. zmianami) Gówny
Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad jakoci produktów
leczniczych znajdujcych si w obrocie, w ramach pastwowych bada
jakociowych produktów leczniczych, w trybie okrelonym przepisami
rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 w sprawie
okrelenia wzorów dokumentów zwizanych z przeprowadzeniem kontroli i
inspekcji przez Pastwow Inspekcj Farmaceutyczn oraz wzoru
orzeczenia o wyniku bada jakociowych pobranych próbek ( Dz. U. Nr
129, poz. 1069)W zwizku z ustaw z dnia 19.12.2014 o zmianie ustawy
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw opublikowanej dnia
8.01.2015 implementujc Dyrektyw 62/2011/UE z dnia 8.06. 2011 w
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszcego si do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi Inspekcja Farmaceutyczna sprawuj nadzór w
zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfaszowanych produktów leczniczych
do legalnego acucha dystrybucji lista A.
Jednoczenie zgodnie z przepisem art. 108a ust. 1 i 2 wspomnianej
ustawy podmiot odpowiedzialny pokrywa koszty bada i pobrania próbki
produktu leczniczego w przypadku gdy wyniki bada przeprowadzonych na
podstawie art. 108 ust 4 pkt 5 lub art. 115 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia
6.09. 2001 Prawo farmaceutyczne potwierdz, e produkt leczniczy nie
spenia okrelonych dla niego wymaga jakociowych oraz równie w
przypadku, gdy produkt leczniczy spenia okrelone dla niego wymagania
jakociowe lista B.
Zgodnie z przepisem art. 121.1b Gówny inspektor Farmaceutyczny moe w
drodze decyzji, skierowa do bada jakociowych prowadzonych przez
jednostki, o których mowa w adt 22 ust 2 okrelon seri substancji
czynnej na koszt wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji
czynnej.
Planowe badania jakoci produktów leczniczych obejmuje:
1.Wykonanie bada analitycznych:
chemicznych: okrelenie tosamoci produktu, wspóistniejcych
zanieczyszcze, oznaczenie zawartoci substancji skadowych,
fizyko-chemicznych: dotyczcych pomiaru charakterystycznych parametrów
dla danego produktu leczniczego, np.: temperatur topnienia,
krzepnicia, pomiaru lepkoci, gstoci, okrelanie wygldu substancji,
stopnia rozdrobnienia, zapachu, barwy itp. oraz bada z zastosowaniem
metod chromatograficznych, elektroforezy, polarografii, spektrometrii,
fluorymetrii itp.
2.Sprawdzanie zgodnoci opakowa oraz druków informacyjnych produktów
leczniczych z wzorami zatwierdzonymi w procesie rejestracji.
3.Inne badania wynikajce ze specyfikacji danego produktu okrelone w
jego dokumentacji rejestracyjnej.
4.Wykonywanie innych /dodatkowych analiz i bada po uprzednim ustaleniu
ich celowoci i zakresu
Badania powinny by prowadzone w oparciu o normy
producenta/specyfikacje zatwierdzone w procesie rejestracyjnym dla
danego produktu leczniczego, zgodnie z metodyk bada ustalon w
dokumentach rejestracyjnych. Dodatkowo zgodnie z zapisem art. 25 ustawy
z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne podstawowe wymagania jakociowe
oraz metody bada produktów leczniczych i ich opakowa oraz surowców
farmaceutycznych odpowiada musz wymaganiom i badaniom okrelonym w
Farmakopei Europejskiej albo Farmakopei Polskiej lub odpowiednich
farmakopeach uznawanych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej lub
pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (
EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
73111000
II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 865 946,32 EUR
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogoszenia o zamówieniu/uprzedniego
ogoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji
ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy
2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedur
ograniczon
Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn: technicznych
Ustawa Prawo farmaceutyczne nakada na Gównego Inspektora
Farmaceutycznego zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad jakoci
produktów leczniczychwyt warzanych importowanych i znajdujcych si w
obrocie, jak te w zakresie nadzoru w zakresie zapobiegania
wprowadzania sfaszowanych produktów leczniczych do legalnego acucha
dystrybucji Zadania te wykonywane s w ramach pastwowych bada.
Realizacja zada, o którym mowa w ustawie wymaga prowadzenia bada,
umoliwiajcych m.in. kontrolowaniejakoci produktów leczniczych, jak
te nadzoru w zakresie zapobiegania wprowadzania sfaszowanych
produktów leczniczych do obrotu. Z uwagi na szczególny charakter bada
Prawo farmaceutyczne przewiduje, e badania jakociowe leków mog by
wykonane na podstawie umowy z jednostkami wskazanymi przezMinistra
Zdrowia. Narodowy Instytut Leków jest jedyn jednostk badawcz
zlokalizowan na terytorium RP posiadajc odpowiednio wykwalifikowan
kadr, dowiadczenie w zakresie analizy produktów leczniczych oraz
zaplecze materiaowo techniczne niezbdne do przeprowadzenia
kompleksowych bada w penym zakresie objtym przedmiotem umowy.
Jednostka ta jest nadzorowana przez Ministerstwo Zdrowia i peni rol
suby pastwowej w systemie ochrony zdrowia, wykonujc jednoczenie
zadania Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. Warto doda, e szczególnycharakter
Narodowego Instytutu Leków potwierdzaj równie informacje uzyskane od
innych jednostek badawczych w kraju. W tej sytuacji jak ju wskazano
powyej jedynie Narodowy Instytut Leków (jednostka wskazana przez
Ministra Zdrowia) jest w stanie wykona caociowo przedmiot umowy i
jako jedyna jednostkadaje gwarancj prawidowej realizacji zada
wykonywanych w ramach bada pastwowych. Dodatkowo naley podnie, e
Narodowy Instytut Leków jako jednostka podlegajca nadzorowi Ministra
Zdrowia zapewnianajwysze standardy dotyczce zachowania poufnoci, w
szczególnoci w zakresie dokumentacji rejestracyjnej,co m.in. z uwagi
na specyfik przedmiotu umowy oraz bezpieczestwo ma fundamentalne
znaczenie. Wobec tych okolicznoci realizacja ww. bada nie moe zosta
powierzona innemu wykonawcy. Jednoczenie naleywskaza, i w Narodowym
Instytucie Leków funkcjonuje system zarzdzania jakoci zgodny z norm
PN ENISO/IEC 17025:2005, co gwarantuje odpowiedni jako
wykonywanych bada. Ponadto Narodowy Instytut Leków jest jednostk
wspópracujc z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakoci Produktu
Leczniczego EDQM z siedzib w Strasburgu w ramach sieci oficjalnych
laboratoriów kontroli jakoci produktów leczniczych OMCL.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
/podmiot zamawiajcy
GIF-BDG-ZAG-271/4/MT/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Narodowy Instytut Leków
ul Chemska 30/34
00-725 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 228514376
Adres internetowy: [8]www.nil.gov.pl
Faks: +48 224810652
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 865 946,32 EUR
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 865 946,32 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Systemwartung - BG-Sofia
Systemwartung
Dokument Nr...: 20773-2016 (ID: 2016012109135758952)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
BG-Sofia: Systemwartung
2016/S 14/2016 20773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Natsionalna agentsiya za prihodite
bul. Knyaz Al. Dondukov No. 52
Kontaktstelle(n): TsU na NAP, direktsiya Darzhavni vzemaniya
Zu Händen von: Svetla Dimitrova
1000 Sofiya
BULGARIEN
Telefon: +359 298595072
Fax: +359 298593348
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.nap.bg
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.nap.bg/page?id=302
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://www.nap.bg/news?id=2676
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50324100
Beschreibung
Systemwartung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 35 280 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 224
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
, : 833127568
. 38
6000
BULGARIEN
E-Mail: [7]alphasys@mail.orbitel.bg
Telefon: +359 42604078
Fax: +359 42604078
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 35 352 BGN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 280 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
References
4. http://www.nap.bg/
5. http://www.nap.bg/page?id=302
6. http://www.nap.bg/news?id=2676
7. mailto:alphasys@mail.orbitel.bg?subject=TED
OT: 21/01/2016 S14 - - - -
-:
2016/S 014-020773
2004/18/
:
I.1), /
131063188
. . 52
/ : ,
:
1000
: +359 298595072
: [6]svetla.dimitrova@nra.bg
: +359 298593348
/:
: [7]http://www.nap.bg
: [8]http://www.nap.bg/page?id=302
: [9]http://www.nap.bg/news?id=2676
I.2)
,
I.3)
I.4)
:
:
II.1)
II.1.1)
.
II.1.2) ,
7:
,
:
. 23 . . 52 (
) .
NUTS BG411
II.1.3)
()
II.1.4) /
:
;
;
, /
. 30 //
;
30 // ;
,
;
( ,
),
;
;
,
,
;
Windows SQL Server;
;
(, .)
, , .,
;
.
II.1.5)O (CPV)
50324100
II.1.6) (GPA)
(GPA):
II.2) /
II.2.1) /
: 35 280 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
-
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) ,
IV.3.2)
: [10]2015/S 039-066690 25.2.2015
: [11]2015/S 158-290936 18.8.2015
V:
: 224
V.1) :
4.12.2015
V.2)
: 2
V.3) ,
, : 833127568
. 38
6000
: [12]alphasys@mail.orbitel.bg
: +359 42604078
: +359 42604078
V.4)
:
: 35 352 BGN
:
: 35 280 BGN
:
: 24
V.5) /
/:
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
6 ,
, 4 ,
, 30 .
VI.3)
VI.3.1),
. 2
1000
: [13]adm.sgs@scc.bg
: +359 2921988
: [14]http://www.scc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schmieröle und Schmierstoffe - DK-Fredericia
Schmieröle und Schmierstoffe
Getriebeöle
Dokument Nr...: 20873-2016 (ID: 2016012109150159060)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
DK-Fredericia: Schmieröle und Schmierstoffe
2016/S 14/2016 20873
DONG Energy Wind Power A/S, 36213728, Kraftværksvej 53, DONG Energy
Wind Power A/S, Zu Händen von: Ib Nederskov Lygum, Fredericia 7000,
DÄNEMARK. Telefon: +45 99554325. E-Mail: ibnly@dongenergy.dk
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
246-448397)
Betr.:
CPV:09211000, 09211400
Schmieröle und Schmierstoffe
Getriebeöle
Anstatt:
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions:
yes
Description of particular conditions: The applicants must sign a
confidentiality agreement with DONG Energy in order to receive the
invitation to tender and tender documents.
The winning tenderers must sign a non-disclosure agreement (NDA) with
DONG Energy for the performance of the contract.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
20.1.2016 (14:00)
VI.3) Additional information:
Requests for pre-qualification including the required information
attached must be sent by email to the point of contact stated in this
eNotice.
The accepted file formats must be Microsoft Office and Adobe pdf
compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is larger
than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject field
a successive numbering and the total number of emails (No. X of Y) must
be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a zipped
file.
Upon receipt of a request to be pre-qualified, DONG Energy shall submit
by email a confidentiality agreement to be duly signed by the applicant
and returned to DONG Energy at the following address without undue
delay:
An electronic pdf copy of the duly signed confidentiality agreement by
email within 1-2 days from receipt to:
[2]ibnly@dongenergy.dk
1 original duly signed paper version of the confidentiality agreement
submitted the same date as the electronic copy by courier to:
DONG Energy WInd Power A/S, Nesa Allé 1, 2820, Gentofte, Denmark.
Att.: Contract Manager, Ib Nederskov Lygum (IBNLY) M.1
Documentation of the power of attorney of the signatory or signatories
of the duly signed confidentiality agreement must be included with the
electronic version of the agreement sent by email.
DONG Energy's receipt of a duly signed confidentiality agreement by the
applicant including attached sufficient documentation is one of the
conditions for participation.
DONG Energy will perform the selection of pre-qualified suppliers based
on the conditions for participation, and will only submit the
invitation to tender, containing the tender conditions and draft
contract agreement documents, to applicants who have been
pre-qualified.
DONG Energy will award the two contracts based on award criteria that
are stated in the tender documents.
Other additional information:
The time limit for requests to participate is extended to 20.1.2016 at
14:00 local Danish time due to the corrections and additional
information provided in this present eNotice.
muss es heißen:
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions:
yes
Description of particular conditions: The winning tenderers must sign a
non-disclosure agreement (NDA) with DONG Energy for the performance of
the contract.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
1.2.2016 (14:00) local Danish time
VI.3) Additional information:
Requests for pre-qualification (including attached electronic versions
of the required information cf. section III: Legal, economic, financial
and technical information) must be sent by email to the point of
contact stated in this eNotice.
Please note: the accepted file formats must be Microsoft Office and
Adobe pdf compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is
larger than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject
field a successive numbering and the total number of emails (No. X of
Y) must be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a
zipped file.
Upon the expiry of the time limit for requests to participate (cf.
IV.3.4)), DONG Energy will commence to perform the selection of
pre-qualified suppliers based on the conditions for participation, and
will only submit the invitation to tender, containing the tender
conditions and draft contract agreement documents, to applicants who
have been pre-qualified.
DONG Energy will award the 2 contracts based on award criteria that are
stated in the tender documents.
Other additional information:
The time limit for requests to participate is extended to 1.2.2016 at
14:00 local Danish time due to the corrections and additional
information provided in this present eNotice.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448397-2015:TEXT:DE:HTML
2. mailto:ibnly@dongenergy.dk?subject=TED
OT: 21/01/2016 S14 - - Supplies - Additional information - Negotiated
procedure
Denmark-Fredericia: Lubricating oils and lubricating agents
2016/S 014-020873
DONG Energy Wind Power A/S, 36213728, Kraftværksvej 53, DONG Energy
Wind Power A/S, For the attention of: Ib Nederskov Lygum, Fredericia
7000, DENMARK. Telephone: +45 99554325. E-mail: ibnly@dongenergy.dk
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 19.12.2015,
[1]2015/S 246-448397)
RE:
CPV:09211000, 09211400
Lubricating oils and lubricating agents
Gear oils
Instead of:
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions:
yes
Description of particular conditions: The applicants must sign a
confidentiality agreement with DONG Energy in order to receive the
invitation to tender and tender documents.
The winning tenderers must sign a non-disclosure agreement (NDA) with
DONG Energy for the performance of the contract.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
20.1.2016 (14:00)
VI.3) Additional information:
Requests for pre-qualification including the required information
attached must be sent by email to the point of contact stated in this
eNotice.
The accepted file formats must be Microsoft Office and Adobe pdf
compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is larger
than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject field
a successive numbering and the total number of emails (No. X of Y) must
be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a zipped
file.
Upon receipt of a request to be pre-qualified, DONG Energy shall submit
by email a confidentiality agreement to be duly signed by the applicant
and returned to DONG Energy at the following address without undue
delay:
An electronic pdf copy of the duly signed confidentiality agreement by
email within 1-2 days from receipt to:
[2]ibnly@dongenergy.dk
1 original duly signed paper version of the confidentiality agreement
submitted the same date as the electronic copy by courier to:
DONG Energy WInd Power A/S, Nesa Allé 1, 2820, Gentofte, Denmark.
Att.: Contract Manager, Ib Nederskov Lygum (IBNLY) M.1
Documentation of the power of attorney of the signatory or signatories
of the duly signed confidentiality agreement must be included with the
electronic version of the agreement sent by email.
DONG Energy's receipt of a duly signed confidentiality agreement by the
applicant including attached sufficient documentation is one of the
conditions for participation.
DONG Energy will perform the selection of pre-qualified suppliers based
on the conditions for participation, and will only submit the
invitation to tender, containing the tender conditions and draft
contract agreement documents, to applicants who have been
pre-qualified.
DONG Energy will award the two contracts based on award criteria that
are stated in the tender documents.
Other additional information:
The time limit for requests to participate is extended to 20.1.2016 at
14:00 local Danish time due to the corrections and additional
information provided in this present eNotice.
Read:
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions:
yes
Description of particular conditions: The winning tenderers must sign a
non-disclosure agreement (NDA) with DONG Energy for the performance of
the contract.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
1.2.2016 (14:00) local Danish time
VI.3) Additional information:
Requests for pre-qualification (including attached electronic versions
of the required information cf. section III: Legal, economic, financial
and technical information) must be sent by email to the point of
contact stated in this eNotice.
Please note: the accepted file formats must be Microsoft Office and
Adobe pdf compatible. The maximum email size is 25 MB. If the email is
larger than 25 MB successive emails may be submitted and in the subject
field a successive numbering and the total number of emails (No. X of
Y) must be stated. Multiple files must be attached to the email(s) as a
zipped file.
Upon the expiry of the time limit for requests to participate (cf.
IV.3.4)), DONG Energy will commence to perform the selection of
pre-qualified suppliers based on the conditions for participation, and
will only submit the invitation to tender, containing the tender
conditions and draft contract agreement documents, to applicants who
have been pre-qualified.
DONG Energy will award the 2 contracts based on award criteria that are
stated in the tender documents.
Other additional information:
The time limit for requests to participate is extended to 1.2.2016 at
14:00 local Danish time due to the corrections and additional
information provided in this present eNotice.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Waffen, Munition und zugehörige Teile - NO-Hamar
Waffen, Munition und zugehörige Teile
Feuerwaffen
Leichtfeuerwaffen
Handfeuerwaffen
Gewehre
Teile von Feuerwaffen und Munition
Teile für Leichtfeuerwaffen
Dokument Nr...: 20973-2016 (ID: 2016012109200659379)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
NO-Hamar: Waffen, Munition und zugehörige Teile
2016/S 14/2016 20973
Forsvarsbygg (The Norwegian Defence Estates Agency), 975950662,
Parkgata 36, Zu Händen von: Christer Rundberget, Hamar 2317, NORWEGEN.
Telefon: +47 47469276. E-Mail: christer.rundberget@forsvarsbygg.no
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.12.2015, [1]2015/S
249-456278)
Betr.:
CPV:35300000, 35320000, 35321000, 35321100, 35321200, 35340000,
35341000
Waffen, Munition und zugehörige Teile
Feuerwaffen
Leichtfeuerwaffen
Handfeuerwaffen
Gewehre
Teile von Feuerwaffen und Munition
Teile für Leichtfeuerwaffen
Anstatt:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
( .
muss es heißen:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
It is emphasised that the contract is a framework agreement. Further
terms on using the framework agreement are stated in the tender
documents that will be distributed to pre-qualified tenderers.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456278-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 21/01/2016 S14 - - Supplies - Additional information - Restricted
procedure
Norway-Hamar: Weapons, ammunition and associated parts
2016/S 014-020973
Forsvarsbygg (The Norwegian Defence Estates Agency), 975950662,
Parkgata 36, For the attention of: Christer Rundberget, Hamar 2317,
NORWAY. Telephone: +47 47469276. E-mail:
christer.rundberget@forsvarsbygg.no
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.12.2015,
[1]2015/S 249-456278)
RE:
CPV:35300000, 35320000, 35321000, 35321100, 35321200, 35340000,
35341000
Weapons, ammunition and associated parts
Firearms
Light firearms
Hand guns
Rifles
Parts of firearms and ammunition
Parts of light firearms
Instead of:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
( .
Read:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
It is emphasised that the contract is a framework agreement. Further
terms on using the framework agreement are stated in the tender
documents that will be distributed to pre-qualified tenderers.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Lieferung von Ausrüstung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen - TR-Ankara
Ausrüstung für Physiotherapie
Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
Elektronische Ausstattung
Installation von Physiotherapiegeräten
Dokument Nr...: 21073-2016 (ID: 2016012209010859550)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
TR-Ankara: Lieferung von Ausrüstung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen
2016/S 15/2016 21073
Bekanntmachung der Vergabe eines Lieferauftrags
Standort Ankara/Türkei
1.Verfahrensart:
offen.
2.Referenznummer der Veröffentlichung und Datum der
Auftragsbekanntmachung:
29.4.2015 und EuropeAid/136448/IH/SUP/TR.
3.Anzahl und Bezeichnung der Lose:
Los 1: Ausrüstung für Ergotherapie, Bewertungs- und Schulungssysteme.
4.Auftragsnummer und -wert:
TRH 4.1. HCTEPE/P-02-1 und 514 000 EUR.
5.Datum der Auftragsvergabe:
14.10.2015.
6.Anzahl der eingegangenen Angebote:
2.
7.Name, Anschrift und Nationalität des erfolgreichen Bieters:
Seha Mühendislik Müavirlik Tic. Ve Makine San. A.., Mebusevleri Ayten
Sokak 27/2, 06580 Tandoan, Ankara, TÜRKEI.
8.Auftragsdauer:
120 Tage.
9.Öffentlicher Auftraggeber:
Direktion für die Europäische Union und Finanzhilfen im Ministerium für
Beschäftigung und soziale Sicherheit, Ankara, TÜRKEI.
10.Rechtsgrundlage:
Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17.7.2006 zur Schaffung
eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA).
OT: 22/01/2016 S15 External aid programmes - Supplies - Contract
award notice - Open procedure
Turkey-Ankara: Supply of equipment for increasing employability of
people with disabilities
2016/S 015-021073
Supply contract award notice
Location Ankara/Turkey
1.Type of procedure:
Open.
2.Publication reference and date of the contract notice:
29.4.2015 and EuropeAid/136448/IH/SUP/TR.
3.Lot number and lot title:
Lot 1: ergo-therapy equipment, assessment and training systems.
4.Contract number and value:
TRH 4.1. HCTEPE/P-02-1 and 514 000 EUR.
5.Date of award of the contract:
14.10.2015.
6.Number of tenders received:
2.
7.Name, address and nationality of successful tenderer:
Seha Mühendislik Müavirlik Tic. Ve Makine San. A.., Mebusevleri Ayten
Sokak 27/2, 06580 Tandoan, Ankara, TURKEY.
8.Duration of contract:
120 days.
9.Contracting authority:
Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry
of Labour and Social Security, Ankara, TURKEY.
10.Legal basis:
Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17.7.2006 establishing an
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - PL-Stettin
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Straßenmarkierungsarbeiten
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
Aussaat von Baumsamen
Anbringen von Leitplanken
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Bauarbeiten für Abwasserrohre
Kanalisationsarbeiten
Baureifmachung
Installation von Straßenschildern
Oberbauarbeiten für Landstraßen
Bauarbeiten für Abwasserkanäle
Bau von Regenwasserrohrleitungen
Straßenbauarbeiten
Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
Installation von Sicherheitseinrichtungen
Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
Bauarbeiten für Starkstromleitungen
Baureifmachung und Abräumung
Errichtung von Zäunen
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
Bau von Parkplätzen
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Erdbewegungsarbeiten
Dokument Nr...: 21173-2016 (ID: 2016012209020159655)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Stettin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
2016/S 15/2016 21173
Mars Most Brdowski Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ul. Ludowa
13, Kierownik Administracyjny Mars Most Brdowski Sp. z o.o., Zu Händen
von: Magdalena Jaroszewska, Szczecin 71-700, POLEN. Telefon: +48
914242713. Fax: +48 914242714. E-Mail:
magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 4.11.2014, [1]2014/S
212-374610)
Betr.:
CPV:45200000, 45233221, 45231300, 77211600, 45233280, 45112710,
45232440, 45232410, 45100000, 45233290, 45233220, 45232400, 45232130,
45233120, 45232310, 45233292, 45316110, 45231400, 45111200, 45342000,
45233222, 45232000, 45223300, 45234126, 45112500
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Straßenmarkierungsarbeiten
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
Aussaat von Baumsamen
Anbringen von Leitplanken
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Bauarbeiten für Abwasserrohre
Kanalisationsarbeiten
Baureifmachung
Installation von Straßenschildern
Oberbauarbeiten für Landstraßen
Bauarbeiten für Abwasserkanäle
Bau von Regenwasserrohrleitungen
Straßenbauarbeiten
Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
Installation von Sicherheitseinrichtungen
Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
Bauarbeiten für Starkstromleitungen
Baureifmachung und Abräumung
Errichtung von Zäunen
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
Bau von Parkplätzen
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Erdbewegungsarbeiten
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren war erfolglos
Weitere zusätzliche Informationen
Zamawiajcy, dziaajc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z
29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013
r. poz. 907 ze zmianami), który stanowi:
Art. 93.1. Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie
zamówienia, jeeli:
1) nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie
wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od
wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;
uniewania przedmiotowe postpowanie o udzielenie zamówienia
publicznego.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374610-2014:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016 S15 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje -
Procedura otwarta
Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii
ldowej i wodnej
2016/S 015-021173
Mars Most Brdowski Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ul. Ludowa
13, Kierownik Administracyjny Mars Most Brdowski Sp. z o.o., Osoba do
kontaktów: Magdalena Jaroszewska, Szczecin 71-700, POLSKA. Tel.: +48
914242713. Faks: +48 914242714. E-mail:
magdalena.jaroszewska@mostbrdowski.pl
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 4.11.2014,
[1]2014/S 212-374610)
Przedmiot zamówienia:
CPV:45200000, 45233221, 45231300, 77211600, 45233280, 45112710,
45232440, 45232410, 45100000, 45233290, 45233220, 45232400, 45232130,
45233120, 45232310, 45233292, 45316110, 45231400, 45111200, 45342000,
45233222, 45232000, 45223300, 45234126, 45112500
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii ldowej i wodnej
Malowanie nawierzchi
Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigów i rurocigów do
odprowadzania cieków
Sadzenie drzew
Wznoszenie barier drogowych
Roboty w zakresie ksztatowania terenów zielonych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigów do odprowadzania cieków
Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
Przygotowanie terenu pod budow
Instalowanie znaków drogowych
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Roboty budowlane w zakresie kanaów ciekowych
Roboty budowlane w zakresie rurocigów do odprowadzania wody burzowej
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Instalowanie urzdze ochronnych
Instalowanie urzdze owietlenia drogowego
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
Wznoszenie ogrodze
Roboty budowlane w zakresie ukadania chodników i asfaltowania
Roboty pomocnicze w zakresie rurocigów i kabli
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Roboty zwizane z liniami tramwajowymi
Usuwanie gleby
Procedury niepenej
Postpowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Inne dodatkowe informacje
Zamawiajcy, dziaajc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z
29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013
r. poz. 907 ze zmianami), który stanowi:
Art. 93.1. Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie
zamówienia, jeeli:
1) nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie
wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od
wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;
uniewania przedmiotowe postpowanie o udzielenie zamówienia
publicznego.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - PL-Danzig
Bauarbeiten
Baureifmachung und Abräumung
Sanitäre Anlagen
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Installation von elektrischen Leitungen
Dokument Nr...: 21273-2016 (ID: 2016012209030659750)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Danzig: Bauarbeiten
2016/S 15/2016 21273
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe POLGRAVEL Spóka z o.o.
al. Grunwaldzka 521
Zu Händen von: Bohdan Aleksandrowicz
80-320 Gdask
POLEN
Telefon: +48 585220321
E-Mail: [4]polgravel@polgravel.pl
Fax: +48 585220319
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.polgravel.pl/
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000, 45111200, 45232460, 45230000, 45310000
Beschreibung
Bauarbeiten.
Baureifmachung und Abräumung.
Sanitäre Anlagen.
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
Installation von elektrischen Leitungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
2.3.2016 - 15:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Alle Amtssprachen der EU
References
4. mailto:polgravel@polgravel.pl?subject=TED
5. http://www.polgravel.pl/
OT: 22/01/2016 S15 - - Roboty budowlane - Ogoszenie o zamówieniu -
Procedura otwarta
Polska-Gdask: Roboty budowlane
2016/S 015-021273
Ogoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe POLGRAVEL Spóka z o.o.
al. Grunwaldzka 521
Osoba do kontaktów: Bohdan Aleksandrowicz
80-320 Gdask
POLSKA
Tel.: +48 585220321
E-mail: [6]polgravel@polgravel.pl
Faks: +48 585220319
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.polgravel.pl/
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: firma prywatna
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: kruszywa budowlane, betony, elementy cienne i fundamentowe itp.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Prace budowlane i sanitarne niezbdne do montau urzdze
technologicznych i prace elektryczne.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Roboty budowlane
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Borowiec; 80-209 Chwaszczyno,
Gm. ukowo, Pow. Kartuzy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Prac budowlanych i sanitarnych niezbdnych do montau urzdze
technologicznych
Kolejno realizacji prac:
1. Mikroniwelacja terenu,
2. Wykonanie fundamentów elbetowych pod mieszarki planetarne (o
pojemnoci 2 250 i 500 litrów),
3. Wykonanie fundamentów elbetowych pod silosy na cement,
4. Wykonanie fundamentów elbetowych pod stacj recyklingu masy
betonowej,
5. Wykonanie fundamentów pod zbiornik (zasiek) na kruszywo,
6. Wykonanie kanalizacji deszczowej,
7. Wykonanie wodocigów,
8. Wykonanie zbiornika wody technologicznej i przeciwpoarowej
(objtoci 110 m^3),
9. Wykonanie zasieku na wstpne przyjcie kruszywa.
Prace elektryczne (zakup i monta instalacji elektrycznej).
W skad ww. prac wchodz nastpujce elementy:
a) Przestawienie i przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630
kVA,
b) Roboty kablowe przeoenie i podczenie kabli do nowej rozdz. NN
stacji transformatorowej,
c) Roboty kablowe zasilenie istn. Rozdzielni NN mieszarek,
d) Roboty kablowe zasilenie proj. Rozdzielni mieszarek,
e) Roboty kablowe zasilenie proj. Hali,
f) Monta rozdzielni proj. Hali.
Przedmiary robót elektrycznych oraz robót budowlanych i sanitarnych
niezbdnych do montau urzdze technologicznych stanowi zacznik do
niniejszego zapytania ofertowego i zostay zamieszczone na stronie
internetowej [8]www.polgravel.pl
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
45000000, 45111200, 45232460, 45230000, 45310000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Podmiot powinien znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajcej wykonanie zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Pomidzy wykonawc, a zamawiajcym tj.
Przedsibiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLGRAVEL Sp. z
o.o. nie mog zachodzi powizania kapitaowe oraz osobowe.
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Pomidzy wykonawc, a zamawiajcym tj. Przedsibiorstwem
Produkcyjno-Handlowym POLGRAVEL Sp. z
o.o. nie mog zachodzi powizania kapitaowe oraz osobowe.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Podmiot musi znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajcej wykonanie zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena. Waga 80
2. Gwarancja (podana w miesicach). Waga 10
3. Czas realizacji zamówienia (podany w miesicach). Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
2.3.2016 - 15:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
Dowolny jzyk urzdowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
Okres w miesicach: 4 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: tak
Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.4.2)Skadanie odwoa
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Installation von kältetechnischen Anlagen - DE-München
Installation von kältetechnischen Anlagen
Dokument Nr...: 21373-2016 (ID: 2016012209035059845)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
DE-München: Installation von kältetechnischen Anlagen
2016/S 15/2016 21373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Messe München GmbH
Messegelände
Kontaktstelle(n): Messe München GmbH
Zu Händen von: Frau Krusche
81823 München
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8994921025
E-Mail: [6]neubau@messe-muenchen.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://messe-muenchen.de
Adresse des Beschafferprofils: [8]http://staatsanzeiger-eservices.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Messegesellschaft
I.3)Haupttätigkeit(en)
Sonstige: Siehe nachstehend VI.2)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Neubau Messehallen C5/C6 450 742 Kältetechn. Anlagen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
81829 München, Paul-Henri-Spaak-Str. 12.
NUTS-Code DE,DE212
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Neubau von 2 Ausstellungshallen (C5/C6).
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45331231
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 2 625 275,35 EUR
ohne MwSt
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
C5/C6
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 119-216411 vom 24.6.2015
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2015/S 174-315943 vom 9.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 450 742 Bezeichnung: Kältetechn. Anlagen
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
15.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SMB Industrieanlagenbau GmbH
8075 Hart bei Graz
ÖSTERREICH
Fax: +43 3164919006290
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 150 624 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 625 275,35 EUR
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
unbekannt
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Die Messe München GmbH ist kein öffentlicher Auftraggeber im Sinne des
§ 98 GWB und wendet freiwillig folgende Vergabevorschriften an: vierter
Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
Vergabeverordnung (VgV) sowie zweiter Abschnitt der VOB/A.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19.1.2016
References
6. mailto:neubau@messe-muenchen.de?subject=TED
7. http://messe-muenchen.de/
8. http://staatsanzeiger-eservices.de/
9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216411-2015:TEXT:DE:HTML
10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315943-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke - PL-Danzig
Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
Dokument Nr...: 21473-2016 (ID: 2016012209045259946)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Danzig: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
2016/S 15/2016 21473
DCT Gdask S.A., Kontenerowa 7, Zu Händen von: Cezary Osipuk, Gdask
80-601, POLEN. Telefon: +48 587379167. E-Mail: tenders@dctgdansk.com
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.1.2016, [1]2016/S
012-016687)
Betr.:
CPV:34144000
Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:016687-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016 S15 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Gdask: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2016/S 015-021473
DCT Gdask S.A., Kontenerowa 7, Osoba do kontaktów: Cezary Osipuk,
Gdask 80-601, POLSKA. Tel.: +48 587379167. E-mail:
tenders@dctgdansk.com
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 19.1.2016,
[1]2016/S 012-016687)
Przedmiot zamówienia:
CPV:34144000
Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Procedury niepenej
Postpowanie o udzielenie zamówienia zostao przerwane
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Süßes Gebäck - FR-Villejuif
Süßes Gebäck
Zwieback und Kekse; haltbares Gebäck und Kuchen
Zucker und zugehörige Erzeugnisse
Suppen
Dokument Nr...: 21573-2016 (ID: 2016012209054460040)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
FR-Villejuif: Süßes Gebäck
2016/S 15/2016 21573
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Semgest
6 rue du 12 février
Zu Händen von: Haye Marie-Noëlle
94800 Villejuif
FRANKREICH
Telefon: +33 149583060
E-Mail: [4]marie-noelle.haye@semgest.fr
Fax: +33 149583069
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://lesgourmands.org
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15821200, 15820000, 15830000, 15891400
Beschreibung
Süßes Gebäck.
Zwieback und Kekse; haltbares Gebäck und Kuchen.
Zucker und zugehörige Erzeugnisse.
Suppen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 12.2.2016 - 17:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:marie-noelle.haye@semgest.fr?subject=TED
5. http://lesgourmands.org/
OT: 22/01/2016 S15 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Villejuif: Biscuits sucrés
2016/S 015-021573
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Semgest
6 rue du 12 février
À l'attention de: Haye Marie-Noëlle
94800 Villejuif
FRANCE
Téléphone: +33 149583060
E-mail: [6]marie-noelle.haye@semgest.fr
Fax: +33 149583069
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://lesgourmands.org
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Entreprise publique locale
I.3)Activité principale
Autre: Restauration collective et agence événementielle
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture de produits d'épicerie
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: 6 rue du 12 Février 94800 Villejuif.
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La fourniture de produits épicerie:
biscuits,
confitures, miel, pâte à tartiner,
compotes,
potages, etc...
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
15821200, 15820000, 15830000, 15891400
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Valeur estimée hors TVA:
fourchette: entre 90 000 et 100 000 EUR
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Valeur technique. Pondération 30
2. Moyens techniques et humains. Pondération 10
3. Conditions financières. Pondération 60
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents: 12.2.2016 - 17:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
15.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en mois: 29 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Wartung von Informationstechnologiesoftware - FR-Nancy
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Dokument Nr...: 21673-2016 (ID: 2016012209065960136)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
FR-Nancy: Wartung von Informationstechnologiesoftware
2016/S 15/2016 21673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Communauté urbaine du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy, CO n° 80036
Zu Händen von: M. le président
54035 Nancy Cedex
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72267100
Beschreibung
Wartung von Informationstechnologiesoftware.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Them-Is
13/15 boulevard Joffre bâtiment B
54000 Nancy
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 159 301 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
OT: 22/01/2016 S15 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Nancy: Maintenance de logiciels de technologies de l'information
2016/S 015-021673
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Communauté urbaine du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy, CO n° 80036
À l'attention de: M. le président
54035 Nancy Cedex
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture de licences, maintenance, prestations d'assistance et de
formation LOTUS.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS FR411
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché concerne la fourniture et la maintenance de logiciels
de messagerie et outils connexes, les formations et les prestations de
services qui y sont associées, pour le service de messagerie
électronique du Grand Nancy, dont le contenu est décrit dans le CCTP.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
72267100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 40
2. Valeur technique sur la base du mémoire technique. Pondération 50
3. Délai d'exécution (livraison). Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015-CU-F063
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 192-347148 du 3.10.2015
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Le présent marché concerne la fourniture et la maintenance de
logiciels de messagerie et outils connexes, les formations et les
prestations de services qui y sont associées, pour le service de
messagerie électronique du Grand Nancy, dont le contenu est décrit dans
le CCTP
V.1)Date d'attribution du marché:
14.1.2016
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Them-Is
13/15 boulevard Joffre bâtiment B
54000 Nancy
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 159 301 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Le marché est attribué pour un montant de 159301 EUR (TTC) et
s'exécutera à bons de commande pour un montant minimum annuel de 25 000
EUR HT et un montant maximum annuel de 150 000 EUR (HT).
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-148785, mise en ligne le 30.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Voies et
délais des recours dont dispose le candidat:
référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code
de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la
signature du contrat,
référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique,
recours contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant
la notification ou publication de la décision de l'organisme.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur- und Wartungsdienste - SI-Krko
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und Maschinen
Reparatur und Wartung von Maschinen
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Wartung von Aufzugsanlagen
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 2173-2016 (ID: 2016010509120539515)
Veröffentlicht: 05.01.2016
*
SI-Krko: Reparatur- und Wartungsdienste
2016/S 2/2016 2173
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktstelle(n): Nabava
Zu Händen von: Andrijana kvorc
SI-8270 Krko
SLOWENIEN
Telefon: +386 74802736
E-Mail: [4]andrijana.skvorc@nek.si
Fax: +386 74921528
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71300000
Beschreibung
Reparatur- und Wartungsdienste.
Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähnen, Metallbehältern und
Maschinen.
Reparatur und Wartung von Maschinen.
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden.
Wartung von Aufzugsanlagen.
Dienstleistungen von Ingenieurbüros.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 524 982,60 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 3152406
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
NUMIP d.o.o.
Cvetkova ulica 27
SI-1000 Ljubljana
SLOWENIEN
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 553 177,28 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 524 982,60 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:andrijana.skvorc@nek.si?subject=TED
OT: 05/01/2016 S2 - - Storitve - Obvestilo o oddaji naroila -
Postopek s pogajanji
Slovenija-Krko: Storitve popravila in vzdrevanja
2016/S 002-002173
Obvestilo o oddaji naroila gospodarske javne slube
Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naronik
I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne toke: Nabava
V roke: Andrijana kvorc
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802736
E-pota: [6]andrijana.skvorc@nek.si
Telefaks: +386 74921528
I.2)Glavna podroja dejavnosti
Elektrina energija
I.3)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
Oddelek II: Predmet naroila
II.1)Opis
II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik
Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema,
cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave in
cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL.
II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
t. kategorije storitev 1: Storitve vzdrevanja in popravljanja
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinaminem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naroila ali nabave:
Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema,
cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave in
cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naroil
50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71300000
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
II.2)Skupna konna vrednost naroil
II.2.1)Skupna konna vrednost naroil
Vrednost: 1 524 982,60 EUR
Brez DDV
Oddelek IV: Postopek
IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnija cena
IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
Uporabljena bo elektronska draba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik:
101/15
IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
Obvestilo o naroilu
tevilka obvestila v UL: [7]2015/S 192-348775 z dne 3.10.2015
Oddelek V: Oddaja naroila
V.1)Oddaja in vrednost naroila
t. naroila: 3152406
Naziv: Vzdrevalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC
oprema, cevarsko-varilska dela, ventili primarne strani, dvine naprave
in cevne obese, mostna dvigala in podroje MECL
V.1.1)Datum oddaje naroila:
29.12.2015
V.1.2)Informacije o ponudbah
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo
oddano
NUMIP d.o.o.
Cvetkova ulica 27
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
V.1.4)Informacije o vrednosti naroila
Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
Vrednost: 1 553 177,28 EUR
Brez DDV
Skupna konna vrednost naroila:
Vrednost: 1 524 982,60 EUR
Brez DDV
V.1.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
V.1.6)Plaana cena za ugodne nakupe
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naroilo se nanaa na projekt in/ali program, ki se financira s
sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
VI.3)Pritobeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
VI.3.2)Vloitev pritob
VI.3.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krko
SLOVENIJA
VI.4)Datum poiljanja tega obvestila:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Segelboote - FR-Toulon
Segelboote
Dokument Nr...: 21773-2016 (ID: 2016012209080160244)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
FR-Toulon: Segelboote
2016/S 15/2016 21773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE
13001537300017
BCRM Toulon, BP 42
Zu Händen von: Mme le Rousseau Severine
83800 Toulon Cedex 9
FRANKREICH
Telefon: +33 422427336
E-Mail: [4]section2.bap@gmail.com
Fax: +33 422436161
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34522100
Beschreibung
Segelboote.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2014 010 2015 040
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
euro-voiles
2315 avenue de l'Aéroport
83400 Hyères
Telefon: +33 494125242
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 98 017,15 EUR
References
4. mailto:section2.bap@gmail.com?subject=TED
5. http://www.marches-publics.gouv.fr/
6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 22/01/2016 S15 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Toulon: Bateaux à voile
2016/S 015-021773
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE
13001537300017
BCRM Toulon, BP 42
À l'attention de: Mme le Rousseau Severine
83800 Toulon Cedex 9
FRANCE
Téléphone: +33 422427336
E-mail: [6]section2.bap@gmail.com
Fax: +33 422436161
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Accès électronique à l'information:
[9]http://www.marches-publics.gouv.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
Mme la directrice du Cercle de la base de défense de Toulon
BCRM Toulon, Cedex 9 BP 151
83800 Toulon
FRANCE
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture d'un voilier de course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC 4
et ses équipements au profit du club nautique de la marine à Toulon.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture d'un voilier de course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC 4
et ses équipements au profit du club nautique de la marine à Toulon.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34522100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 50
2. Prix. Pondération 40
3. Délais. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
83-140098
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [11]2014/S 238-418582 du 10.12.2014
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2014 010 2015 040 Intitulé: Fourniture d'un voilier de
course-croisière neuf, jaugé en UNCL-IRC classe 4 et ses équipements au
profit du club nautique de la marine à Toulon
V.1)Date d'attribution du marché:
13.3.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
euro-voiles
2315 avenue de l'Aéroport
83400 Hyères
Téléphone: +33 494125242
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 98 017,15 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial paru au BOAMP, parution nº: 236 B, annonce
nº 305 du 9.12.2014.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine, BP 40510
83000 Toulon
E-mail: [12]greffe.ta-toulon@juradm.com
Téléphone: +33 494427930
Fax: +33 494427989
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Mindef / EMA / DC SCA / PFAF SE cellule juridique
BRCM Toulon, BP 42
83800 Toulon Cedex 9
E-mail: [13]section2.bap@gmail.com
Téléphone: +33 422435978
Fax: +33 422435977
VI.4)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittel - DE-Hannover
Arzneimittel
Dokument Nr...: 21873-2016 (ID: 2016012209085060343)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
DE-Hannover: Arzneimittel
2016/S 15/2016 21873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Klinikum Region Hannover GmbH
Constantinstraße 40
Kontaktstelle(n): Einkauf Zentrale Vergabestelle
Zu Händen von: Petra Freund
30177 Hannover
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 5119067752
E-Mail: [6]zentrale.vergabestelle@krh.eu
Fax: +49 5119067782
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.krh.eu
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[8]https://prego-vergabeplattform.prhos.com
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[9]https://prego-vergabeplattform.prhos.com
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: öffentliches Unternehmen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: ja
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
Aroser Allee 72-76
13407 Berlin
DEUTSCHLAND
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7
12683 Berlin
DEUTSCHLAND
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Rahmenvertrag Antiinfektiva.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: KRH
GmbH:, KRH Zentralapotheke, Roesebeckstraße 15, 30449 Hannover, ,
Vivantes GmbH:, Apotheke des Vivantes Humboldt-Klinikums, Am Nordgraben
2, 13509 Berlin, Apotheke im Vivantes Klinikum Neukölln, Rudower Straße
48, 12351 Berlin, ukb e. V.:, Zentralapotheke, Warener Straße 7, 12683
Berlin.
NUTS-Code DE3,DE929
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Die Vivantes GmbH, die KRH GmbH und das Unfallkrankenhaus Berlin,
schreiben ihren Bedarf an den Fertigarzneimitteln Meropenem 500 mg,
Meropenem 1 g und Piperacillin/Tazobactam 4,5 g Durchstechflaschen
gemeinsam aus.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33600000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
KRH-2015-0011
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [10]2015/S 212-384685 vom 31.10.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1.1 Los-Nr: 1 - Bezeichnung: Meropenem
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg
DEUTSCHLAND
E-Mail: [11]kirsten.peymann-peter@fresenius-kabi.com
Telefon: +49 6172686-8152
Fax: +49 6172686-2517
V.4)Angaben zum Auftragswert
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 4
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4137752943
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 41311513341335
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18.1.2016
References
6. mailto:zentrale.vergabestelle@krh.eu?subject=TED
7. http://www.krh.eu/
8. https://prego-vergabeplattform.prhos.com/
9. https://prego-vergabeplattform.prhos.com/
10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384685-2015:TEXT:DE:HTML
11. mailto:kirsten.peymann-peter@fresenius-kabi.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Herzschrittmacher - CZ-Ostrava
Herzschrittmacher
Dokument Nr...: 21973-2016 (ID: 2016012209102060444)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
CZ-Ostrava: Herzschrittmacher
2016/S 15/2016 21973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
00635162
Nemocniní 898/20A
Kontaktstelle(n): Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
Zu Händen von: Ing. Jana Vlková
728 80 Ostrava
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 596192289
E-Mail: [4]jana.vlckova@mnof.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.mnof.cz
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33182210
Beschreibung
Herzschrittmacher.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 9 544 565,22 CZK
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Boston Scientific eská republika s.r.o.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
TSCHECHISCHE REPUBLIK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 373 913 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 774 400 CZK
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostjov
TSCHECHISCHE REPUBLIK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 549 782,61 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 012 710 CZK
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9
TSCHECHISCHE REPUBLIK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 540 260,87 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 171 886 CZK
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostjov
TSCHECHISCHE REPUBLIK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 080 608,70 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 433 950 CZK
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:jana.vlckova@mnof.cz?subject=TED
5. http://www.mnof.cz/
6. http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
OT: 22/01/2016 S15 - - Dodávky - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
ízení
eská republika-Ostrava: Kardiostimulátor
2016/S 015-021973
Oznámení o zadání zakázky
Dodávky
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
00635162
Nemocniní 898/20A
Kontaktní místo: Mstská nemocnice Ostrava, píspvková organizace
K rukám: Ing. Jana Vlková
728 80 Ostrava
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 596192289
E-mail: [6]jana.vlckova@mnof.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.mnof.cz
Adresa profilu kupujícího:
[8]http://vhodne-uverejneni.cz/profil/00635162
I.2)Druh veejného zadavatele
Regionální i místní úad/agentura
I.3)Hlavní pedmt innosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce
Dodávky kardiostimulátor vetn písluenství.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Dodávky
Koup
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
Sídlo zadavatele Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
(DNS)
II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
Pedmtem veejné zakázky jsou prbné dodávky speciálních
zdravotnických prostedk a to konkrétn kardiostimulátor potebných
pi léb pacient s poruchou srdeního rytmu na oddlení Kardiologie,
a to po dobu 1 roku.
II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
33182210
II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
Hodnota: 9 544 565,22 CZK
Bez DPH
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska
1. Celková nabídková cena pro danou ást, v CZK vetn DPH. Váha 80
2. Poskytovaná délka záruky za jakost. Váha 10
3. Garantovaná doba nástupu technické podpory. Váha 10
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Byla pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
VZ/41/2015
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
Oznámení pedbných informací
íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 095-171976 ze dne 19.5.2015
Oddíl V: Zadání zakázky
ást zakázky .: 1 - Název: Kardiostimulátory tídy I
V.1)Datum zadání zakázky:
28.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 3
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Boston Scientific eská republika s.r.o.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
ESKÁ REPUBLIKA
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 1 373 913 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 774 400 CZK
Bez DPH
Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
poet rok: 1
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
ást zakázky .: 2 - Název: Kardiostimulátory tídy II
V.1)Datum zadání zakázky:
28.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 3
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostjov
ESKÁ REPUBLIKA
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 2 549 782,61 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 2 012 710 CZK
Bez DPH
Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
poet rok: 1
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
ást zakázky .: 3 - Název: Kardiostimulátory tídy III
V.1)Datum zadání zakázky:
15.1.2016
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 2
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9
ESKÁ REPUBLIKA
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 2 540 260,87 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 2 171 886 CZK
Bez DPH
Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
poet rok: 1
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
ást zakázky .: 4 - Název: Kardiostimulátory tídy IV
V.1)Datum zadání zakázky:
28.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostjov
ESKÁ REPUBLIKA
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 3 080 608,70 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 2 433 950 CZK
Bez DPH
Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
poet rok: 1
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
VI.3)Odvolací ízení
VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [10]posta@compet.cz
VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [11]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros - FR-Sarzeau
Dienstleistungen von Architekturbüros
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dienstleistungen im Sport
Dokument Nr...: 22073-2016 (ID: 2016012209114760548)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
FR-Sarzeau: Dienstleistungen von Architekturbüros
2016/S 15/2016 22073
Communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 37 rue Iluric, parc
d'activités de Kerollaire, Zu Händen von: M. le président, Sarzeau
56370, FRANKREICH
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 20.1.2016, [1]2016/S
013-019297)
Betr.:
CPV:71200000, 71300000, 92600000
Dienstleistungen von Architekturbüros
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dienstleistungen im Sport
Anstatt:
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
participation:
15.2.2016 (12:00)
muss es heißen:
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
participation:
19.2.2016 (12:00)
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
16-7089, mise en ligne le 18.1.2016.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019297-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 22/01/2016 S15 - - Services - Informations complémentaires -
Procédure restreinte
France-Sarzeau: Services d'architecture
2016/S 015-022073
Communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 37 rue Iluric, parc
d'activités de Kerollaire, À l'attention de: M. le président, Sarzeau
56370, FRANCE
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 20.1.2016,
[1]2016/S 013-019297)
Objet:
CPV:71200000, 71300000, 92600000
Services d'architecture
Services d'ingénierie
Services sportifs
Au lieu de:
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
participation:
15.2.2016 (12:00)
Lire:
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de
participation:
19.2.2016 (12:00)
Autres informations complémentaires
Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres
correspondant.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier
d'appel d'offres correspondant.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
16-7089, mise en ligne le 18.1.2016.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Industrielle Maschinen - CZ-enov u Nového Jiína
Industrielle Maschinen
Installation (außer Software)
Dokument Nr...: 22173-2016 (ID: 2016012209124560649)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
CZ-enov u Nového Jiína: Industrielle Maschinen
2016/S 15/2016 22173
Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
VOP CZ, s.p.
00000493
Dukelská 102
Kontaktstelle(n): Dukelská 102
Zu Händen von: Mgr. Bronislav Barto
742 42 enov u Nového Jiína
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 556783224
E-Mail: [3]verejne.zakazky@vop.cz
Fax: +420 556701734
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.vop.cz
Adresse des Beschafferprofils: [5]https://verejnezakazky.vop.cz
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
42000000, 51000000
Beschreibung
Industrielle Maschinen .
Installation (außer Software) .
References
3. mailto:verejne.zakazky@vop.cz?subject=TED
4. http://www.vop.cz/
5. https://verejnezakazky.vop.cz/
OT: 22/01/2016 S15 - - Sluby - Pedbné oznámení bez výzvy k úasti
v souti - Nehodící se
eská republika-enov u Nového Jiína: Prmyslové stroje
2016/S 015-022173
Oznámení pedbných informací
Sluby
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
VOP CZ, s.p.
00000493
Dukelská 102
Kontaktní místo: Dukelská 102
K rukám: Mgr. Bronislav Barto
742 42 enov u Nového Jiína
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 556783224
E-mail: [5]verejne.zakazky@vop.cz
Fax: +420 556701734
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [6]http://www.vop.cz
Adresa profilu kupujícího: [7]https://verejnezakazky.vop.cz
I.2)Druh veejného zadavatele
Jiný: státní podnik
I.3)Hlavní pedmt innosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II.B: Pedmt zakázky (Dodávky nebo sluby)
II.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
Opravy vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnní
Kategorie slueb . 1: Údrbáské a opraváské sluby
enov u Nového Jiína.
Kód NUTS CZ080
II.3)Informace o rámcové smlouv
Oznámení se týká uzavení rámcové smlouvy: ne
II.4)Struný popis pedmtu a rozsahu i hodnoty dodávek nebo slueb:
Pedmtem veejné zakázky jsou opravy vertikálních CNC obrábcích
stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
ásti zakázky
Rozdlení zakázky na ásti: ne
II.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
42000000, 51000000
II.6)Pedpokládané datum zahájení zadávacího ízení
II.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
II.8)Dalí informace:
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky úasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Opravy
vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
Popis pedmtu veejné zakázky. Pedmtem veejné zakázky jsou opravy
vertikálních CNC obrábcích stroj Stama, Norte, MCFV a MCV.
Popis vzájemného vztahu pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele.
Opravy jsou nutné pro zajitní kotinuální výroby v naem podniku.
Pedpokládaný termín naplnní veejné zakázky: kvtenprosinec 2016.
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Hilfe - ES-Elche
Technische Hilfe
Dokument Nr...: 22273-2016 (ID: 2016012209133760747)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
ES-Elche: Technische Hilfe
2016/S 15/2016 22273
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.
pl. de La Lonja, nº 1
Zu Händen von: Esperanza Martinez Guillo
03202 Elche
SPANIEN
Telefon: +34 966613691
E-Mail: [4]emartinezg@hidraqua.es
Fax: +34 965453339
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.aigueselx.es
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71356200
Beschreibung
Technische Hilfe.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
11.3.2016 - 13:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:emartinezg@hidraqua.es?subject=TED
5. http://www.aigueselx.es/
OT: 22/01/2016 S15 - - Servicios - Anuncio de licitación -
Procedimiento abierto
España-Elche: Servicios de asistencia técnica
2016/S 015-022273
Anuncio de licitación
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.
pl. de La Lonja, nº 1
A la atención de: Esperanza Martinez Guillo
03202 Elche
ESPAÑA
Teléfono: +34 966613691
Correo electrónico: [6]emartinezg@hidraqua.es
Fax: +34 965453339
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.aigueselx.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto
mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos
de contacto mencionados arriba
I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: empresa mixta
I.3)Principal(es) actividad(es)
Otros: ciclo integral del agua
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Servicio de coordinación y asistencia técnica en prevención de riesgos
laborales para obras y actividades de mantenimiento de Aigües d'Elx.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Servicios
Código NUTS
II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
sistema dinámico de adquisición
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Servicio de coordinación y asistencia técnica en prevención de riesgos
laborales para obras y actividades de mantenimiento de Aigües d'Elx.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71356200
II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
431 478,33.
Valor estimado IVA excluido: 89 148,41 EUR
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
Número de renovaciones posibles: 3
En el caso de contratos renovables de suministros o servicios, plazo
estimado para los contratos posteriores:
en meses: 36 (a partir de la adjudicación del contrato)
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
técnico
III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
económicos adjudicataria del contrato:
III.1.4)Otras condiciones particulares
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
mercantil
III.2.2)Capacidad económica y financiera
III.2.3)Capacidad técnica
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a
negociar o en el documento descriptivo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente:
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
participación
11.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
solicitudes de participación
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre la periodicidad
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.3)Información adicional
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - PL-Warschau
Reinigungsdienste
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
Fensterreinigung
Reinigung von Telefongeräten
Entleerung von Abfallbehältern
Büroreinigung
Dokument Nr...: 22373-2016 (ID: 2016012209145160847)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Warschau: Reinigungsdienste
2016/S 15/2016 22373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
Zu Händen von: Boena Chudy, Joanna Górzyska
00-580 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 225239910
E-Mail: [4]bzp@msz.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.msz.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
Beschreibung
Reinigungsdienste.
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung.
Fensterreinigung.
Reinigung von Telefongeräten.
Entleerung von Abfallbehältern.
Büroreinigung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:bzp@msz.gov.pl?subject=TED
5. http://www.msz.gov.pl/
OT: 22/01/2016 S15 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Warszawa: Usugi sprztania
2016/S 015-022373
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
Osoba do kontaktów: Boena Chudy, Joanna Górzyska
00-580 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225239910
E-mail: [6]bzp@msz.gov.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.msz.gov.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
regionalne i lokalne
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem okien.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 14: Usugi sprztania budynków i usugi zarzdzania
mieniem
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Obiekty Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie przy: al. Szucha 23 (gmach gówny), al. Szucha 23 (budynek
biurowo-garaowy), ul. Litewskiej 2/4, al. Szucha 21, al. Szucha 16,
ul. Miodowej 10, ul. Kruczej 38/42, ul. Krywulta 2, ul. Tanecznej 67A,
ul. Tanecznej 67B, ul. Tanecznej 73, ul. Tanecznej 18C, ul.
Karmazynowej 1A, ul. Bagatela 5.
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprztanie pomieszcze w
obiektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie wraz z myciem
okien. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na czci. Przedmiot
zamówienia w odniesieniu do poszczególnych czci obejmuje:
Cz I wykonywanie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze w
obiektach MSZ w Warszawie (budynki biurowe uytecznoci publicznej) o
cznej powierzchni 31 346,19 m^2 wraz z doranym myciem okien,
wyposaaniem toalet w rodki czystoci i higieny oraz wyposaaniem w
baterie automatycznych odwieaczy powietrza i koszy na mieci;
Cz II wykonywanie usugi mycia okien i innych powierzchni
szklanych, w tym wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub
innych, w obiektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
obejmujce mycie jednostronne oraz dwustronne powierzchni szklanych
wraz z kratami, aluzjami zewntrznymi i wewntrznymi, parapetami
zewntrznymi, ramami i siatkami okiennymi o cakowitej powierzchni 15
121,16 m^2.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: tak
Oferty mona skada w odniesieniu do wszystkich czci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Prosz poda opis takich opcji: 1. Zamawiajcy zastrzega sobie
moliwo skorzystania z prawa opcji, tj. zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie iloci metrau cakowitej
sprztanej powierzchni,
z zastrzeeniem, e metra ten po dokonaniu zmniejszenia nie bdzie
mniejszy ni 85 % metrau maksymalnego (31 346,19 m^2). W przypadku
skorzystania z prawa opcji, zmniejszeniu ulegnie liczba pracowników o
liczb osób przewidzianych do realizacji usugi w lokalizacjach
podlegajcych zmniejszeniu. Powysze dotyczy Czci I Zamówienia.
2. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo skorzystania z prawa opcji,
tj. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie iloci
metrau mytej powierzchni okien i innych powierzchni szklanych, w tym
wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub innych, z
zastrzeeniem, e metra ten po dokonaniu zmniejszenia nie bdzie
mniejszy ni 90 % metrau maksymalnego (15 121,16 m^2). Powysze
dotyczy Czci II Zamówienia.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o czciach zamówienia
Cz nr: 1 Nazwa: Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem
okien
1)Krótki opis
Wykonywanie usugi kompleksowego sprztania pomieszcze w obiektach MSZ
w Warszawie (budynki biurowe uytecznoci publicznej) o cznej
powierzchni 31 346,19 m² wraz z doranym myciem okien, wyposaaniem
toalet w rodki czystoci i higieny oraz wyposaaniem w baterie
automatycznych odwieaczy powietrza i koszy na mieci.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
3)Wielko lub zakres
Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
do 50 % wartoci zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
realizacji przedmiotu zamówienia, na kwot nie nisz ni 10 000 000
PLN (sownie: dziesi milionów zotych, 00/100).
4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego, w
stosunku do osób realizujcych umow, bd stosowane regulacje zawarte
w Instrukcji Bezpieczestwa Przemysowego, stanowicej zacznik do
umowy;
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
zostanie wybrana zobowizany bdzie przekaza osobie wyznaczonej przez
Dyrektora Generalnego Suby Zagranicznej, potwierdzon za zgodno z
oryginaem kopi aktualnego wiadectwa bezpieczestwa przemysowego co
najmniej trzeciego stopnia potwierdzajcego zdolno do ochrony
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne z wyczeniem
moliwoci ich przetwarzania w uytkowanych przez niego obiektach,
najpóniej w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228
ze zm.). W przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o zamówienie
kopi wiadectwa bezpieczestwa przemysowego nie mniej ni trzeciego
stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
potwierdzajcej zdolno Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o
klauzuli poufne z wyczeniem moliwoci ich przetwarzania w
uytkowanych przez niego obiektach, przedstawia kady z Wykonawców
oddzielnie.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
przedmiot zamówienia;
7. Najpóniej w dniu podpisania umowy ale przed jej zawarciem,
Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu, imienn list wszystkich osób
zaangaowanych w realizacj umowy, zawierajc nastpujce informacje:
imi i nazwisko oraz nr PESEL powysze dotyczy osób, które objte s
klauzul spoeczn.
8. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4 7 przez
Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
5 pkt 3 ustawy.
Cz nr: 2 Nazwa: Kompleksowe sprztanie pomieszcze wraz z myciem
okien
1)Krótki opis
Wykonywanie usugi mycia okien i innych powierzchni szklanych, w tym
wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub innych, w obiektach
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, obejmujce mycie
jednostronne oraz dwustronne powierzchni szklanych wraz z kratami,
aluzjami zewntrznymi i wewntrznymi, parapetami zewntrznymi, ramami
i siatkami okiennymi o cakowitej powierzchni 15 121,16 m^2.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90910000, 90911000, 90911300, 90916000, 90918000, 90919200
3)Wielko lub zakres
Zgodnie z opisem w pkt. II.1.5) ogoszenia o zamówieniu.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Okres w miesicach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
do 50 % wartoci zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
przedmiotu Umowy (ubezpieczenie dedykowane do umowy) na kwot nie
nisz ni 150 000 PLN (sownie: sto pidziesit tysicy zotych).
4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego
najpóniej w dniu podpisania umowy ale przed jej zawarciem, Wykonawca
przekae Zamawiajcemu wykaz osób (imi, nazwisko, PESEL)
przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy celem ich weryfikacji
przez suby kontrolne Zamawiajcego (ochrona Zamawiajcego). W
przypadku negatywnej weryfikacji Zamawiajcy nie bdzie móg dopuci
danej osoby do wykonywania przedmiotu umowy i zada od Wykonawcy jej
zmiany.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
przedmiot zamówienia;
6. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4 i 5 przez
Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
5 pkt 3 ustawy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w kwocie: 80 000 PLN (sownie
osiemdziesiciu tysicy zotych) dla Czci I Zamówienia oraz 7 000
(sownie siedmiu tysicy zotych) dla Czci II Zamówienia.
2. Zamawiajcy bdzie da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
naleytego wykonania umowy w wysokoci 3 % cakowitej ceny oferty
brutto dla kadej z Czci Zamówienia.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
1. Odnonie Czci I Zamówienia: Wykonawca otrzymywa bdzie
wynagrodzenie wyliczone w oparciu o stawk jednostkow (koszt
utrzymania czystoci za 1 m^2 powierzchni), pomnoon przez wielko
faktycznie posprztanej powierzchni, po zakoczeniu kadego miesica
kalendarzowego okresu obowizywania umowy i
na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawc, po potwierdzeniu
wykonania usugi. Zamawiajcy zobowizuje si zapaci wynagrodzenie w
terminie 21 dni od daty otrzymania prawidowo wystawionej faktury VAT.
Za czas i miejsce spenienia patnoci uznaje si czas i miejsce
obcienia rachunku Zamawiajcego.
2. Odnonie Czci II Zamówienia: Wykonawca otrzymywa bdzie
wynagrodzenie patne w dziewiciu równych ratach po zrealizowaniu
kadej tury, zgodnie z terminami okrelonymi w Umowie. Wynagrodzenie
dla Wykonawcy w sytuacji zastosowania prawa opcji, bdzie liczone
wedug ceny jednostkowej za metr kwadratowy. Patno za zrealizowan
cz usugi nastpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy zamieszczony na
fakturze. Za dat zapaty uwaa si dzie przekazania bankowi polecenia
przelewu na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy
speniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczce:
a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W celu potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu,
okrelonych w pkt III 2.1) 1. ogoszenia, Wykonawcy s zobowizani
przedstawi owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu
okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, Wykonawcy s zobowizani przedstawi:
a) owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert;
c) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce,
e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zawiadczenie, e
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
d) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
e) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawion
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
f) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
4. Wykonawcy s zobowizani przedstawi list podmiotów nalecych do
tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy albo informacj o tym, e nie nalez do grupy kapitaowej.
5. Dokumenty wymienione w pkt III.2.1) 2, III.2.1) 3, III.2.1) 4 oraz
III.2.3) niniejszego ogoszenia naley przedstawi w formie oryginau
(dokument opisany w punkcie III.2.1) 2, III.2.1) 3a), III.2.1) 4 oraz
III.2.3) 4 niniejszego ogoszenia tylko w tej formie) lub kopii
powiadczonych za zgodno z oryginaem przez osoby upowanione do
reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku oferty skadanej przez Wykonawców ubiegajcych si
wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt III.2.1) 3
oraz III.2.1) 4 skada kady z Wykonawców oddzielnie. Pozostae
dokumenty mog by przedstawione przez jednego Wykonawc lub wspólnie.
W przypadku Wykonawców wystpujcych wspólnie na podstawie art. 23 ust.
1 ustawy mog oni wspólnie spenia warunki, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1 4 ustawy. Jednoczenie, kady z Wykonawców, musi
samodzielnie wykaza brak podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy oraz samodzielnie zoy list podmiotów nalecych do tej
samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
albo informacj o tym, e nie naley do grupy kapitaowej.
7. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o
udzielenie zamówienia, do oferty musi by zaczony dokument
ustanawiajcy penomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w
postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
oryginale lub kopii powiadczonej notarialnie.
8. W przypadku gdy Wykonawca bdzie polega na wiedzy i dowiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych
podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni
Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zoone w oryginale.
9. W celu oceny, czy Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostp do zasobów tego/tych podmiotu/ów, Zamawiajcy da
zoenia dokumentów dotyczcych:
zakresu dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc przy
wykonywaniu zamówienia,
o ile powysze informacje nie wynikaj z dokumentów doczonych do
oferty na potwierdzenie spenienia warunków udziau w postpowaniu, w
tym z dokumentu, o którym mowa w pkt III.2.1) 8 niniejszego ogoszenia.
10. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj przepisy
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moe da Zamawiajcy od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mog by skadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 3 lit. b) III.2.1)
3 lit. c), III.2.1) 3 lit. d), III.2.1) 3 lit. f) powyej Wykonawca
skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania potwierdzajce odpowiednio, e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie;
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 3 lit. e) powyej,
Wykonawca skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i
11 ustawy.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a) tiret pierwsze
i trzecie i III.2.1) 10 lit. b) powinny by wystawione nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, a dokument, o
którym mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a) tiret drugie powinien by
wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
ofert.
12. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) 10 lit. a) b) powyej,
Wykonawca zastpuje je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym
okrela si take osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone
przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt II.2.1) 11
stosuje si odpowiednio.
13. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu zoonego przez
Wykonawc majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajcy moe zwróci si do waciwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedoonego dokumentu.
14. Jeeli w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5
8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
15. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym powinny by zoone wraz z
tumaczeniem na jzyk polski.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Zamawiajcy nie konkretyzuje tego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
Wykonawca zobowizany jest przedstawi:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usug w zakresie niezbdnym do
wykazania spenienia warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz zaczy dokumenty potwierdzajce, e
usugi te zostay wykonane naleycie (dotyczy Czci I i II
Zamówienia);
2. wykaz osób, którymi dysponuje lub bdzie dysponowa Wykonawca, które
bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (dotyczy Czci I i II Zamówienia), a
odnonie Czci I Zamówienia równie posiadania aktualnego na dzie
skadania ofert powiadczenia bezpieczestwa o klauzuli poufne lub
wyszej oraz aktualnego zawiadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych, a take zaczy informacj o podstawie
do dysponowania tymi zasobami (dotyczy Czci I i II Zamówienia);
3. wykaz narzdzi oraz sprztu specjalistycznego, którym dysponuje lub
bdzie dysponowa Wykonawca, w trakcie wykonywania Czci I Zamówienia.
4. pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia osób zdolnych
do wykonania zamówienia (jeeli w wykazie, o którym mowa w pkt III.2.3)
2. ogoszenia Wykonawca wskaza osoby, którymi bdzie dysponowa);
5. owiadczenie, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj
obowizek posiadania takich uprawnie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie niezbdnym do wykazania spenienia warunku udziau w
postpowaniu okrelonego w pkt III.2.1) lit b) ogoszenia, Wykonawcy
wyka si odpowiedni wiedz i dowiadczeniem, tj. w przypadku
Wykonawców ubiegajcych si o udzielenie zamówienia w cigu ostatnich 3
lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wykonali, a w przypadku
wiadcze okresowych lub cigych równie wykonuj, naleycie nie mniej
ni dwie gówne usugi odpowiadajce swoim rodzajem i wartoci
przedmiotowi zamówienia. Powysze dotyczy kadej z Czci Zamówienia.
Poprzez gówn usug odpowiadajc swoim rodzajem i wartoci
przedmiotowi zamówienia Zamawiajcy rozumie:
1.1. dla Czci I wykonan lub wykonywan usug sprztania
pomieszcze o powierzchni co najmniej 10 000 m^2 oraz warto usugi co
najmniej 500 000 PLN brutto kada. Poprzez usug wykonywan
Zamawiajcy rozumie usug bdc w trakcie realizacji, przy czym
warto czci usugi w ramach zawartej umowy na dzie skadania ofert
musi wynosi co najmniej 500 000 PLN brutto kada;
1.2 dla Czci II wykonan lub wykonywan usug polegajc na myciu
okien i innych powierzchni szklanych, w tym wymagajcych uycia technik
alpinistycznych lub innych, o wartoci co najmniej 50 000 PLN brutto
kada. Poprzez usug wykonywan Zamawiajcy rozumie usug bdc w
trakcie realizacji, przy czym warto zrealizowanej czci usugi w
ramach zawartej umowy na dzie skadania ofert musi wynosi co najmniej
50 000 PLN brutto kada.
Zamawiajcy dopuszcza, w przypadku skadania przez Wykonawc oferty
zarówno na Cz I jak i Cz II, aby obydwie gówne usugi byy
wykonane lub wykonywane na rzecz jednego Zamawiajcego. Przy czym
warto kadej czci winna by zgodna z ww. warunkiem.
2. W zakresie niezbdnym do wykazania spenienia warunku w postpowaniu
okrelonego w pkt. III.2.1) lit. c) ogoszenia, Wykonawcy wyka si
odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, tj. wyka, e dysponuj lub bd dysponowa:
2.1 w zakresie Czci I Zamówienia:
2.1.1. w odniesieniu do osób:
a) co najmniej pidziesicioma jeden (51) pracownikami, którzy bd
wykonywa usug sprztania,
Uwaga: W ramach 51 osób, co najmniej trzy osoby sprztajce gabinety
kierownictwa, musz by zatrudnione na podstawie umowy o prac na czas
realizacji przedmiotu zamówienia (klauzule spoeczne).
b) co najmniej dwunastoma (12) pracownikami sprawujcymi dyur,
c) 1 osob nadzorujc (klauzule spoeczne) posiadajc co najmniej
2-letnie dowiadczenie w zakresie nadzoru nad zespoem sprztajcym
skadajcym si z minimum 30 osób wykonujcych usug sprztania,
zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania
ofert.
d) 1 elektrykiem (klauzule spoeczne) posiadajcym:
1) wiadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisj kwalifikacyjn,
powoan zgodnie z art. 54 ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne w
zakresie eksploatacji urzdze, instalacji i sieci energetycznej o
napiciu co najmniej 1 kV, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 28.4.2003 w sprawie
szczegóowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujce si eksploatacj urzdze, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89,
Poz. 828),
2) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
pracy na wysokoci, zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra zdrowia i
Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502 t.j. ze zm.) oraz
zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
(Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
3) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci (rozporzdzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (D.U.2004.180.1860 ze zm.),
4) zosta zapoznany z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
prac, zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502
tj. ze zm.).
e) 1 osob do zdejmowania i zawieszania firanek i zason posiadajc:
1) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
pracy na wysokoci, zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502 tj. ze zm.) oraz
zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
(DZ. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
2) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci (rozporzdzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (D.U. 2004.180.1860 ze zm.),
3) zosta zapoznany z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
prac, zgodnie z zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.
2014.1502 tj. ze zm.).
Oddelegowane do realizacji przedmiotu umowy osoby wymienione w pkt. a)
e) musz posiada:
1) powiadczenie bezpieczestwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z
5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz.
1228 ze zm.) o klauzuli: poufne lub wyszej,
2) aktualne zawiadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony
informacji niejawnych zgodnie z ustaw z 5.8.2010 o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz.1228 ze zm.).
2.1.2. w odniesieniu do potencjau technicznego:
Wykonawca zapewni co najmniej jedn maszyn do czyszczenia podogi
kamienno-granitowej, co najmniej 2 maszyny do polerki.
2.2 w zakresie Czci II Zamówienia:
2.2.1 w odniesieniu do osób:
a) co najmniej szecioma (6) osobami do usugi mycia okien i innych
powierzchni szklanych, wymagajcych uycia technik alpinistycznych lub
innych, które musz posiada:
1) zawiadczenie o odbyciu kursu technik alpinistycznych wydane przez
instruktora Polskiego Zwizku Alpinistów posiadajcego licencj wydana
przez PZA. Lista instruktorów posiadajcych aktualn licencj znajduje
si na stronie internetowej PZA.
2) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwskaza do
pracy na wysokoci zgodnie z § 4 rozporzdzenia Ministra zdrowia i
Opieki Spoecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia bada
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502. tj. ze zm.) oraz
zgodnie z § 105 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
3) zawiadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program
obejmowa zagadnienia dotyczce bhp pracy na wysokoci zwizanej z
przedmiotem zamówienia (rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia z 27.7.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i
higieny pracy (D.U. 2004.180.1860 ze zm.)
4) zostay zapoznane z ocen ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan
prac zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502
t.j. ze zm.).
b) co najmniej jedn osob nadzorujc, posiadajc co najmniej
2-letnie dowiadczenie w zakresie nadzoru nad zespoem myjcym okna i
inne powierzchnie szklane, skadajcym si z minimum 6 osób
wykonujcych przedmiot zamówienia i zdobyte w okresie ostatnich 3 lat
przed upywem terminu skadania ofert.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena Cz I Zamówienia. Waga 100
2. Cena Cz II Zamówienia. Waga 80
3. Termin realizacji Cz II Zamówienia. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
BDG.741.075.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpatne: nie
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
1.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.3.2016 - 14:00
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca powinien umieci ofert wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamknitym opakowaniu zaadresowanym na adres
Zamawiajcego, wraz z dopiskiem: "Biuro Dyrektora Generalnego" i
zawierajcym oznaczenie: "Oferta na kompleksowe sprztanie pomieszcze
wraz z myciem okien; znak: BDG.741.075.2015 oraz Nie otwiera przed
1.3.2016 do godz. 14.00 oraz zawierajcym oznaczenie Wykonawcy.
2. Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych
do 50 % wartoci zamówienia podstawowego. Dotyczy kadej Czci
Zamówienia.
3. Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
realizacji przedmiotu zamówienia, na kwot nie nisz ni 10 000 000
PLN (sownie: dziesi milionów zotych, 00/100). Powysze dotyczy
Czci I Zamówienia.
Wykonawca zobowizuje si do posiadania przez cay okres realizacji
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie dotyczcym
przedmiotu Umowy (ubezpieczenie dedykowane do umowy) na kwot nie
nisz ni 150 000 PLN (sownie: sto pidziesit tysicy zotych).
Dotyczy Czci II Zamówienia.
4. Ze wzgldu na obowizujce wewntrzne przepisy Zamawiajcego:
a) Odnonie czci I Zamówienia, w stosunku do osób realizujcych
umow, bd stosowane regulacje zawarte w Instrukcji Bezpieczestwa
Przemysowego, stanowicej zacznik do umowy;
b) Odnocie czci II Zamówienia, najpóniej w dniu podpisania umowy
ale przed jej zawarciem, Wykonawca przekae Zamawiajcemu wykaz osób
(imi, nazwisko, PESEL) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy
celem ich weryfikacji przez suby kontrolne Zamawiajcego (ochrona
Zamawiajcego). W przypadku negatywnej weryfikacji Zamawiajcy nie
bdzie móg dopuci danej osoby do wykonywania przedmiotu umowy i
zada od Wykonawcy jej zmiany.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
zostanie wybrana zobowizany bdzie przekaza osobie wyznaczonej przez
Dyrektora Generalnego Suby Zagranicznej, potwierdzon za zgodno z
oryginaem kopi aktualnego wiadectwa bezpieczestwa przemysowego co
najmniej trzeciego stopnia potwierdzajcego zdolno do ochrony
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne z wyczeniem
moliwoci ich przetwarzania w uytkowanych przez niego obiektach,
najpóniej w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228
ze zm.). W przypadku Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o zamówienie
kopi wiadectwa bezpieczestwa przemysowego nie mniej ni trzeciego
stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
potwierdzajcej zdolno Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o
klauzuli poufne z wyczeniem moliwoci ich przetwarzania w
uytkowanych przez niego obiektach, przedstawia kady z Wykonawców
oddzielnie. Powysze dotyczy Czci I Zamówienia.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz i
zostanie wybrana, zobowizany bdzie przekaza Zamawiajcemu najpóniej
w dniu podpisania umowy uprawnienia dla osób, które bd wykonywa
przedmiot zamówienia;
7. Najpóniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej zawarciem,
Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu imienn list wszystkich osób
zaangaowanych w realizacj umowy, zawierajc nastpujce informacje:
imi i nazwisko oraz nr PESEL powysze dotyczy osób, które objte s
klauzul spoeczn.
8. Niewypenienie obowizków opisanych w pkt VI.3) 4 7 przez
Wykonawc skutkowa bdzie odstpieniem Zamawiajcego od podpisania
umowy i zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust.
5 pkt 3 ustawy.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587700
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z
dziaem VI rodki ochrony prawnej ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie
publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t.).
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587700
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausbildung des Personals - UK-Birmingham
Ausbildung des Personals
Dokument Nr...: 22473-2016 (ID: 2016012209155660947)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
UK-Birmingham: Ausbildung des Personals
2016/S 15/2016 22473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Capita Business Services
5th Floor, Fort Dunlop, Fort Parkway, Erdington
Kontaktstelle(n): CSL Procurement
B24 9FD Birmingham
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2083592188
E-Mail: [4]CSLProcurement@capita.co.uk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
80511000
Beschreibung
Ausbildung des Personals.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 60 683,60 GBP
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Organisation Effectiveness Cambridge LLP
Sheraton House, Castle Park
CB3 0AX Cambridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 75 000 GBP
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 60 683,60 GBP
ohne MwSt
References
4. mailto:CSLProcurement@capita.co.uk?subject=TED
OT: 22/01/2016 S15 - - Services - Contract award notice - Contract
award without prior publication
United Kingdom-Birmingham: Staff training services
2016/S 015-022473
Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Capita Business Services
5th Floor, Fort Dunlop, Fort Parkway, Erdington
Contact point(s): CSL Procurement
B24 9FD Birmingham
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2083592188
E-mail: [6]CSLProcurement@capita.co.uk
I.2)Type of the contracting authority
Other: framework
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes
Department of Health
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
GW5260 Development Centres Department of Health.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Birmingham.
NUTS code UKG31
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
A cohort per 1 day development centre, which includes a centre manager,
observers, actors for exercises and administration as required.
The training consists of:
1:1 performance management discussion;
Group exercises;
In-tray exercises;
Feedback sessions.
Post event:
Report writing quality assurance;
Writing up of reports by observers;
1:1s with report feedback.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
80511000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 60 683,60 GBP
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a contract notice in
the Official Journal of the European Union (in the cases listed in
Section 2 of Annex D1)
Justification for the award of the contract without prior publication
of a contract notice in the Official Journal of the European Union
(OJEU):
Directive 2004/18/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without
prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with
Directive 2004/18/EC
2) Other justification for the award of the contract without prior
publication of a contract notice in the OJEU
The contract falls outside the scope of application of the Directive.
Procured via Civil Service Learning Framework
Crown Commercial Service Contract ID: RM1568.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Quality. Weighting 60
2. Pricing. Weighting 40
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
CSL/GW5260
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
Section V: Award of contract
Lot title: GW5260 Development Centres Department of Health
V.1)Date of contract award decision:
4.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 14
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Organisation Effectiveness Cambridge LLP
Sheraton House, Castle Park
CB3 0AX Cambridge
UNITED KINGDOM
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 75 000 GBP
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 60 683,60 GBP
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
VI.2)Additional information:
Supplier Size Small.
Contract Start Date 6.11.2015
Contract End Date 31.12.2016
(MT Ref: 169314).
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung - UK-Stanford-le-Hope
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Dokument Nr...: 22573-2016 (ID: 2016012209165861039)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
UK-Stanford-le-Hope: Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung
2016/S 15/2016 22573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
London Gateway Port Limited
No 1 London Gateway
Zu Händen von: Nwaiwu Oluchi
SS17 9DY Stanford-le-Hope
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [4]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
Internet-Adresse(n):
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[5]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
-1#fh
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[6]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
-1#fh
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79993000, 50700000
Beschreibung
Gebäude- und Betriebsmittelverwaltung.
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 401 189 GBP
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
First Intervention Training Limited
Thames Enterprise Park, The Manorway, Coryton
SS17 9LL Stanford-le-Hope
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [7]luke.hayes@fit-group.co.uk
Telefon: +44 7793045251
Internet-Adresse: [8]http://www.hayley-group.co.uk/
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 401 189 GBP
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 36
References
4. mailto:oluchi.nwaiwu@dpworld.com?subject=TED
5. https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=142348
3315978.59733-1#fh
6. https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=142348
3315978.59733-1#fh
7. mailto:luke.hayes@fit-group.co.uk?subject=TED
8. http://www.hayley-group.co.uk/
OT: 22/01/2016 S15 - - Services - Contract award notice - Restricted
procedure
United Kingdom-Stanford-le-Hope: Building and facilities management
services
2016/S 015-022573
Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
London Gateway Port Limited
No 1 London Gateway
For the attention of: Nwaiwu Oluchi
SS17 9DY Stanford-le-Hope
UNITED KINGDOM
E-mail: [6]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
Internet address(es):
Electronic access to information:
[7]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
-1#fh
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[8]https://dpworld.tejari.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.
do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1423483315978.59733
-1#fh
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Facilities Maintenance Services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: No
1 London Gateway Port Limited, Stanford-le-Hope, SS17 9DY.
NUTS code UKH32,UK
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Provision of PPE and work-wear for the staff of London Gateway Port.
Laundry services for the PPE and work-wear.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
79993000, 50700000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 401 189 GBP
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Price
2. Quality
3. Delivery performance
4. Risk
5. Overall cost effectiveness
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Section V: Award of contract
Lot title: Facilities Maintenance Services
V.1)Date of contract award decision:
22.12.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 3
Number of offers received by electronic means: 3
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
First Intervention Training Limited
Thames Enterprise Park, The Manorway, Coryton
SS17 9LL Stanford-le-Hope
UNITED KINGDOM
E-mail: [9]luke.hayes@fit-group.co.uk
Telephone: +44 7793045251
Internet address: [10]http://www.hayley-group.co.uk/
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 401 189 GBP
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 36
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
London Gateway Port Limited
No. 1 London Gateway
SS17 9DY Stanford-le-Hope
UNITED KINGDOM
E-mail: [11]oluchi.nwaiwu@dpworld.com
Telephone: +44 1375648441
Internet address: [12]http://www.londongateway.com
Fax: +44 1375648300
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauaufsicht - PL-Warschau
Bauaufsicht
Dokument Nr...: 22673-2016 (ID: 2016012209174061128)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Warschau: Bauaufsicht
2016/S 15/2016 22673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Kontaktstelle(n): Centrum Realizacji Inwestycji Region Poudniowy,
31-157 Kraków, pl. Matejki 12, II pitro, pok. 213
Zu Händen von: Dariusz Biaek
03-734 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 123931596
E-Mail: [4]maciej.jaworski@plk-sa.pl
Fax: +48 123931562
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.plk-sa.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71520000
Beschreibung
Bauaufsicht.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum w skadzie: MP-Mosty Sp. z o.o.; INKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 099 600 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:maciej.jaworski@plk-sa.pl?subject=TED
5. http://www.plk-sa.pl/
OT: 22/01/2016 S15 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usugi nadzoru budowlanego
2016/S 015-022673
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Punkt kontaktowy: Centrum Realizacji Inwestycji Region Poudniowy,
31-157 Kraków, pl. Matejki 12, II pitro, pok. 213
Osoba do kontaktów: Dariusz Biaek
03-734 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 123931596
E-mail: [6]maciej.jaworski@plk-sa.pl
Faks: +48 123931562
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.plk-sa.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Spóka prawa handlowego, w której Skarb Pastwa posiada ponad 50
% akcji
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: obsuga sieci wiadczcych publiczne usugi w zakresie transportu
kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Penienie nadzoru i funkcji Inyniera dla zadania pn. Budowa cznicy
kolejowej Kraków Zabocie Kraków Krzemionki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
technicznych; usugi bada i analiz technicznych
Kod NUTS PL213,PL21
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usuga obejmuje nadzór, administrowanie i koordynacj realizacji umów,
jakie bd podpisane z Wykonawcami robót i wykonawcami innych umów, w
tym umow na nadzór autorski i umowami przyczeniowymi z PKP
Energetyka S.A., wyonionymi w ramach odrbnych postpowa.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
71520000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cakowita cena brutto. Waga 95
2. Dodatkowy personel w okresie prowadzenia nadzoru (z wyczeniem
okresu zgaszania wad). Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
IREZA3d-216-08/POIi 7.1-55/15; 9090/IREZA3/06883/02845/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Wstpne ogoszenie informacyjne
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 086-155552 z dnia 5.5.2015
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 152-280813 z dnia 8.8.2015
Inne wczeniejsze publikacje
Numer ogoszenia w Dz.U.: [10]2015/S 156-286913 z dnia 14.8.2015
Numer ogoszenia w Dz.U.: [11]2015/S 166-303010 z dnia 28.8.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum w skadzie: MP-Mosty Sp. z o.o.; INKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 099 600 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: tak
Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
POIi 7.1-55 Budowa cznicy kolejowej Kraków Zabocie Kraków
Krzemionki.
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych zgodnie z
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
2. Zmiana postanowie Umowy w stosunku do treci oferty Wykonawcy
moliwa jest wycznie w przypadku zaistnienia okolicznoci i na
warunkach okrelonych w Tomie II SIWZ.
3. W kadym przypadku kiedy w SIWZ powoywane s Polskie Normy, naley
je uzna za przykadowe i Zamawiajcy dopuszcza stosowanie europejskich
Norm Zharmonizowanych zgodnie z art. 30, ust.1 Pzp.
4. Zamawiajcy zgodnie z art. 24, ust. 2a Ustawy, zastrzega sobie prawo
do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania, w sposób zawiniony
powanie naruszy obowizki zawodowe, w szczególnoci, gdy Wykonawca w
wyniku zamierzonego dziaania lub racego niedbalstwa nie wykona lub
nienaleycie wykona zamówienie.
5.Jest to zamówienie udzielane w czciach. Pozostae zamówienia
udzielane bd zgodnie z art. 6a ustawy Prawo Zamówie Publicznych.
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza przy Prezesie Urzdu Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli informacje
te zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w
terminie 15 dni jeeli informacje zostay przesane w inny sposób.
2. Odwoanie wobec treci ogoszenia oraz postanowie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej.
3. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 1 i 2 wnosi si
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu
naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach
stanowicych podstaw jego wniesienia
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FI-Tampere
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 2273-2016 (ID: 2016010609024639655)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
FI-Tampere: Bauarbeiten
2016/S 3/2016 2273
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
TREDU-Kiinteistöt Oy
2605630-1
PL 487
FI-33101 Tampere
FINNLAND
Weitere Auskünfte erteilen: ISS Proko Oy
0920253-0
PL 590
Zu Händen von: Pertti Hasala
FI-40101 Jyväskylä
FINNLAND
Telefon: +358 407048387
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000
Beschreibung
Bauarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 28.1.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
29.1.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Finnisch.
References
OT: 06/01/2016 S3 - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely
Suomi-Tampere: Rakennustyöt
2016/S 003-002273
Hankintailmoitus
Rakennusurakat
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
TREDU-Kiinteistöt Oy
2605630-1
PL 487
FI-33101 Tampere
SUOMI
Osoite, josta saa lisätietoja: ISS Proko Oy
0920253-0
PL 590
Vastaanottaja: Pertti Hasala
FI-40101 Jyväskylä
SUOMI
Puhelin: +358 407048387
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: kiinteistöjen rakennuttaminen ja hallinnointi
I.3)Pääasiallinen toimiala
Koulutus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tredu Pirkkala maarakennus- ja perustusurakka.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
NUTS-koodi FI197
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tredu Pirkkala avioniikan ja lennonopetuksen tilat, rakennuspohjan ja
tontin maarakennustyöt, perustustyöt, kellarin ja sprinklerialtaan
betonirakennetyöt, alueviemäri- ja -putkistotyöt, sähkökaapeli- ja
suojaputkiasennukset.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
45000000
II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Alkamispäivä 25.2.2016. Päättymispäivä 30.5.2016
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
koskeviin määräyksiin:
Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Esitetty
tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä:
Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
TRE:7803/02.07.01/2015
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Ennakkotietoilmoitus
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [6]2015/S 179-324422 , 16.9.2015
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika:
28.1.2016 - 12:00
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.1.2016 - 14:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 2 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verwaltung von Finanzmärkten - BE-Châtelet
Verwaltung von Finanzmärkten
Dokument Nr...: 22773-2016 (ID: 2016012209184961234)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
BE-Châtelet: Verwaltung von Finanzmärkten
2016/S 15/2016 22773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Châtelet
Rue Gendebien 55
Zu Händen von: Monsieur Jean-Marc Porsont
6200 Châtelet
BELGIEN
Telefon: +32 71244930
E-Mail: [4]directeur.financier@chatelet.be
Fax: +32 71244924
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.chatelet.be
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66150000
Beschreibung
Verwaltung von Finanzmärkten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
ING Belgique SA
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 759 454,68 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:directeur.financier@chatelet.be?subject=TED
5. http://www.chatelet.be/
OT: 22/01/2016 S15 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
Belgique-Châtelet: Services d'administration des marchés financiers
2016/S 015-022773
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Châtelet
Rue Gendebien 55
À l'attention de: Monsieur Jean-Marc Porsont
6200 Châtelet
BELGIQUE
Téléphone: +32 71244930
E-mail: [6]directeur.financier@chatelet.be
Fax: +32 71244924
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.chatelet.be
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Marché de service Emprunt global.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6: Services financiers a) Services
dassurances b) Services bancaires et dinvestissement
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Comptabilité, Place de l'Hôtel de Ville 10
à 6200 Châtelet.
Code NUTS BE322
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Marché de services emprunts.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66150000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 76
2. Qualité des services obligatoires à fournir. Pondération 6
3. Autre modalités relatives au coût de financement, assistance et
support en matière financière. Pondération 18
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015/465
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 172-313217 du 5.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé: Marché de service Emprunt global
V.1)Date d'attribution du marché:
18.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
ING Belgique SA
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 759 454,68 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Renseignements complémentaires point II.2.3)
La loi sur les marchés publics offre la faculté de reconduction de ce
marché financier pour les années 2016, 2017 et 2018 à la condition
impérative de la prévoir dans le cahier spécial des charges. Le Collège
communal aura la possibilité de négocier, sans appel à la concurrence,
auprès de l'adjudicataire du marché de 2015 en ayant toujours la
possibilité de ne pas accepter les nouvelles conditions de
l'adjudicataire et donc d'envisager une nouvelle procédure sur pied de
l'article 26,§1, 2°, b de la loi du 15.6.2006.
Montant 1er année: 189 863,67 EUR.
Montant global des 2ème, 3ème et 4ème années: 569 591,01 EUR.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Conseil d'État
Rue de la Science 37
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Téléphone: +32 3222349611
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Conseil d'État
Rue de la Science 37
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Téléphone: +32 3222349611
VI.4)Date denvoi du présent avis:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen - FR-Paris
Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile
Dokument Nr...: 22873-2016 (ID: 2016012209193561329)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
FR-Paris: Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
2016/S 15/2016 22873
Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit
Dienstleistungen
Richtlinie 2009/81/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mindef/Simmad
Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des
matériels aéronautique du ministère de la défense Balard parcelle
Victor, 60 avenue du Général Martial Valin, CS 21623
Zu Händen von: M. le directeur adjoint industrie et chef du service des
contrats et des finances de la Simmad
75509 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 533053825
E-Mail: [4]simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr
Fax: +33 533053827
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50650000, 34740000
Beschreibung
Reparatur und Wartung von Militärflugzeugen, Raketen und Raumfahrzeugen
.
Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die
Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 15 92 053 Los-Nr: 1 lot 1: matériels électriques,
électromécaniques et électroniques pour aéronefs à voilure fixe.
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
NSE
65 bis avenue de l'Europe
77184 Émerainville
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 165 573 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 15 92 054 Los-Nr: 2 lot 2: matériels électriques,
électromécaniques et électroniques pour hélicoptères.
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
NSE
65 bis avenue de l'Europe
77184 Émerainville
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 14 174 927 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 22/01/2016 S15 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure restreinte
France-Paris: Services de réparation et d'entretien des aéronefs, des
missiles et des spationefs militaires
2016/S 015-022873
Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
défense et de la sécurité
Services
Directive 2009/81/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Mindef/Simmad
Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des
matériels aéronautique du ministère de la défense Balard parcelle
Victor, 60 avenue du Général Martial Valin, CS 21623
À l'attention de: M. le directeur adjoint industrie et chef du service
des contrats et des finances de la Simmad
75509 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 533053825
E-mail: [6]simmad-scf.resp-contrat.fct@intradef.gouv.fr
Fax: +33 533053827
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Maintien en condition opérationnelle d'équipements aéronautiques
électriques, électromécaniques et électroniques du ministère de la
défense.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS
II.1.3)Information sur laccord-cadre
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Maintien en condition opérationnelle d'équipements aéronautiques
électriques, électromécaniques et électroniques du ministère de la
défense.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50650000, 34740000
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Restreinte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 45
2. Valeur technique. Pondération 40
3. Délai. Pondération 15
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
SIMMAD-14-AOR-021
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2014/S 193-341541 du 8.10.2014
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15 92 053 Lot nº: 1 - Intitulé: Maintien en condition
opérationnelle d'équipements aéronautiques électriques,
électromécaniques et électroniques du ministère de la défense. lot 1:
matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour aéronefs
à voilure fixe.
V.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
NSE
65 bis avenue de l'Europe
77184 Émerainville
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1 165 573 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter:
Réparations d'équipements.
Marché nº: 15 92 054 Lot nº: 2 - Intitulé: Maintien en condition
opérationnelle d'équipements aéronautiques électriques,
électromécaniques et électroniques du ministère de la défense. lot 2:
matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
hélicoptères.
V.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
NSE
65 bis avenue de l'Europe
77184 Émerainville
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 14 174 927 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter:
Réparations d'équipements.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Les montants indiqués ci-dessus sont les montants maximum des marchés.
Le parc des matériels à soutenir est le suivant:
lot 1: matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
les aéronefs suivants: Alphajet, Mirage 2000 et Planeurs,
lot 2: matériels électriques, électromécaniques et électroniques pour
les hélicoptères suivants: Alouette lll, Cougar, Fennec,Gazelle, Lynx,
Panther, Puma, Super-Puma et Tigre.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 4
E-mail: [8]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 4
E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.4)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ammoniak - PL-Ostroka
Ammoniak
Dokument Nr...: 22973-2016 (ID: 2016012209203261423)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
PL-Ostroka: Ammoniak
2016/S 15/2016 22973
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ENERGA Elektrownie Ostroka S.A.
ul. Elektryczna 5
Zu Händen von: Daria Kwanik
07-401 Ostroka
POLEN
Telefon: +48 586921857
E-Mail: [4]daria.kwasnik@energa.pl
Fax: +48 586921880
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.energaostroleka.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
24413000
Beschreibung
Ammoniak.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 711 200 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy SA
al. Tysiclecia Pastwa Polskiego 13
24-110 Puawy
POLEN
Telefon: +48 815652146
Fax: +48 815653297
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 436 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 711 200 PLN
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:daria.kwasnik@energa.pl?subject=TED
5. http://www.energaostroleka.pl/
OT: 22/01/2016 S15 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Ostroka: Amoniak
2016/S 015-022973
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
ENERGA Elektrownie Ostroka S.A.
ul. Elektryczna 5
Osoba do kontaktów: Daria Kwanik
07-401 Ostroka
POLSKA
Tel.: +48 586921857
E-mail: [6]daria.kwasnik@energa.pl
Faks: +48 586921880
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiajcego: [7]www.energaostroleka.pl
I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa wody amoniakalnej 24 % do ENERGA Elektrownie Ostroka SA na
lata 20162017.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Ostroka.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody amoniakalnej 24 % do ENERGA
Elektrownie Ostroka SA na lata 2016 2017.
Planowane zapotrzebowanie Zamawiajcego na wod amoniakaln 24 %
szacowane jest w iloci nie wikszej ni 9 060 ton. Zamawiajcy
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zapotrzebowania ogólnej iloci
wody amoniakalnej, w zakresie nie wikszym ni 50 %, bez zmian warunków
realizacji niniejszego zamówienia.
Szczegóowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Charakterystyka i
parametry wody amoniakalnej 24 % oraz projekt umowy stanowice
zaczniki do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
24413000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 4 711 200 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
ZP/EEO/461/2015/DK
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 204-371324 z dnia 21.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Udzielenie zamówienia i jego warto
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.1.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja
o udzieleniu zamówienia
Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy SA
al. Tysiclecia Pastwa Polskiego 13
24-110 Puawy
POLSKA
Tel.: +48 815652146
Faks: +48 815653297
V.1.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 5 436 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 711 200 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odowlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcom
przysuguje zoenie odwoania do Prezesa Izby na zasadach i w
terminach okrelonych w dziale VI ustawy.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odowlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Baumpflege - BG-Plovdiv
Baumpflege
Fällen von Bäumen
Dokument Nr...: 23073-2016 (ID: 2016012209214161517)
Veröffentlicht: 22.01.2016
*
BG-Plovdiv: Baumpflege
2016/S 15/2016 23073
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
EVN Balgariya Elektrorazpredelenie EAD
ul. Hristo G. Danov No. 37
Zu Händen von: Nikolay Kerechiev
4000 Plovdiv
BULGARIEN
Telefon: +359 882832324
Fax: +359 32278500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.evn.bg
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?li
stnode=/Za-nas/BuyersProfile
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77211500, 77211400
Beschreibung
Baumpflege.
Fällen von Bäumen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 134 446 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 4600003433
Los-Nr: 3
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
120548749
. 29
4000
BULGARIEN
Telefon: +359 30168090
Fax: +359 30168099
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 134 446 BGN
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. http://www.evn.bg/
5. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
6. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
OT: 22/01/2016 S15 - - - -
-:
2016/S 015-023073
2004/17/
:
I.1), /
E
115552190
. . 37
:
4000
: +359 882832324
: +359 32278500
/:
: [6]www.evn.bg
:
[7]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx
:
[8]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151026_Proseki_gr_3.aspx?li
stnode=/Za-nas/BuyersProfile
I.2)
I.3)
:
:
II.1)
II.1.1)
.
II.1.2) ,
12: ;
;
; ,
,
:
.
II.1.3)
()
II.1.4) /:
.
3 A .
II.1.5)O (CPV)
77211500, 77211400
II.1.6) (GPA)
II.2) /
II.2.1) /
: 1 134 446 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
-
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) , :
-13---89
IV.3.2)
: [9]2013/S 143-249799 25.7.2013
V:
V.1)
: 4600003433
: 3 - :
3 A
V.1.1) :
14.12.2015
V.1.2)
: 2
V.1.3) ,
120548749
. 29
4000
: +359 30168090
: +359 30168099
V.1.4)
:
: 1 134 446 BGN
V.1.5) /
/:
V.1.6)
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
VI.3)
VI.3.1),
. 18
1000
: [10]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [11]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Falmouth: - UK-Falmouth
Spezialboote
Dokument Nr...: 23173-2016 (ID: 2016012309014961805)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
UK-Falmouth:
2016/S 16/2016 23173
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Lieferauftrag
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2016/S 015-021108)
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Falmouth Harbour Commissioners
44 Arwennick Street Falmouth Cornwall
Falmouth
TR11 3JQ
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Kontaktstelle(n): Captain Mark Sansom
Telefon: +44 1326310995
E-Mail: [5]tenders@falmouthport.co.uk
NUTS-Code: UKK30
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [6]http://www.falmouthport.co.uk
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
The manufacture and supply of a catamaran hull mooring maintenance
vessel.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34521000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The construction and supply of a 12-metre catamaran steel hull vessel
to the authority's own design suitable for the use of maintaining
moorings, undertaking related activities including limited salvage and
oil pollution response tasks.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2016
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [7]2016/S 015-021108
Abschnitt VII: Änderungen
VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Communication:
Anstatt:
The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge, at: [8]http://www.falmouthport.co.uk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically
via: [9]http://www.falmouthport.co.uk
muss es heißen:
The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge, at:
[10]http://www.contractsfinder.service.gov.uk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically
via: [11]http://www.contractsfinder.service.gov.uk
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
References
5. mailto:tenders@falmouthport.co.uk?subject=TED
6. http://www.falmouthport.co.uk/
7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:021108-2016:TEXT:DE:HTML
8. http://www.falmouthport.co.uk/
9. http://www.falmouthport.co.uk/
10. http://www.contractsfinder.service.gov.uk/
11. http://www.contractsfinder.service.gov.uk/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - BE-Lüttich
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 23273-2016 (ID: 2016012309024061915)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
BE-Lüttich: Bauarbeiten
2016/S 16/2016 23273
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
SPI
Rue du Vertbois 11
Zu Händen von: Monsieur Julien Germay
4000 Liège
BELGIEN
Telefon: +32 42301254
E-Mail: [4]julien.germay@spi.be
Fax: +32 42301120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.spi.be
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000
Beschreibung
Bauarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 14.3.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.3.2016 - 11:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:julien.germay@spi.be?subject=TED
5. http://www.spi.be/
OT: 23/01/2016 S16 - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
ouverte
Belgique-Liège: Travaux de construction
2016/S 016-023273
Avis de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
SPI
Rue du Vertbois 11
À l'attention de: Monsieur Julien Germay
4000 Liège
BELGIQUE
Téléphone: +32 42301254
E-mail: [6]julien.germay@spi.be
Fax: +32 42301120
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.spi.be
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Intercommunale
I.3)Activité principale
Affaires économiques et financières
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE PRESERVATION DES BATIMENTS
«CHIMIE-METALLURGIE» AU VAL BENOIT A LIEGE.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Liège
Code NUTS BE33
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le marché auquel s'appliquent les clauses et conditions du présent
cahier spécial des charges a pour objet: LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET
DE PRESERVATION DES BATIMENTS «CHIMIE-METALLURGIE» AU VAL BENOIT A
LIEGE.
Tous les travaux, fournitures, transports, main d'uvre, pose, moyens
d'exécution, évacuation des décombres et déchets quelconques, services
et sujétions diverses faisant partie du marché sont énoncés au présent
cahier spécial des charges et métrés, représentés aux plans et épures
en se conformant aux indications données en cours d'exécution par
l'Auteur de projet ou son délégué, et repris dans tous autres documents
contractuels.
Le marché comprend en outre, l'entretien et la protection de tous les
ouvrages existants et réalisés jusqu'à la réception provisoire et
ensuite, suivant stipulations du CSCH, jusqu'à l'expiration des délais
de garantie, toutes fournitures et main-d'uvre comprises.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
en jours: 240 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à
la dizaine supérieure).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: 1. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste
sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées par
les causes d'exclusion reprises à l'article 61 de l'A.R. du 15 juillet
2011 et s'engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les
documents et preuves nécessaires. En tout état de cause, les documents
et preuves doivent être produits par l'auteur de l'offre la plus basse
ou la plus intéressante suivant le cas.
2. En application des articles 62 et 81 de l'A.R. du 15 juillet 2011:
pour les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à
la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs:
une attestation originale de l'Office national de sécurité sociale
(avec cachet sec), dont il résulte que le soumissionnaire est en règle
en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité
d'existence, l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la
date ultime de dépôt des offres et des demandes de participation;
pour les soumissionnaires de nationalité étrangère: une attestation
originale délivrée par l'autorité compétente ou une attestation
identique à celle prévue pour les soumissionnaires belges, conformément
aux dispositions de l'article 62 de l'A.R. du 15 juillet 2011;
pour les soumissionnaires n'employant pas de personnel: une
attestation originale similaire émanant de l'INASTI;
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Renseignements et formalités pour évaluer si ces
exigences sont remplies:
1. Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au
modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
2. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
(catégorie et classe).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): 1. Des déclarations
bancaires appropriées.
2. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
(catégorie et classe).
Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 5
Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat
d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux
publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n°
d'inscription sur la liste des agréations.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont
remplies:
1. Voir article portant sur l'agréation des
entrepreneurs requise (catégorie et classe).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
1. Voir article portant sur l'agréation des entrepreneurs requise
(catégorie et classe).
Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 5
Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat
d'agréation comme Entreprise, délivré par le Ministère des Travaux
publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n°
d'inscription sur la liste des agréations.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier non
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
2014-576
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de préinformation
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2013/S 033-051811
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents: 14.3.2016
Documents payants: oui
Prix: 0 EUR
Modalités de paiement: Conditions d'obtention: Les documents du marché
sont disponibles gratuitement sous format informatique. Sur demande
auprès de Julien GERMAY Coordinateur de projets Développement
Infrastructures à la SPI ([9]julien.germay@spi.be 04/230.12.54), un
lien sera envoyé par mail au soumissionnaire, qui permettra le
téléchargement des documents du marché.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
15.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Date: 15.3.2016 - 11:00
Lieu:
Atrium Vertbois rue du Vertbois 11
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Visite des lieux obligatoire
Le représentant du Pouvoir adjudicateur délivrera une attestation
confirmant la présence du soumissionnaire à la visite des lieux.
L'attestation de visite doit obligatoirement être jointe à l'offre sous
peine de nullité de celle-ci.
Après cette visite, les soumissionnaires auront la possibilité de poser
leurs questions par écrit uniquement à l'adresse e-mail:
[10]julien.germay@spi.be jusqu'au 22 février 2016 avant 16 heures. Dans
la mesure du possible, les réponses leurs parviendront pour le 29
février avant 16 heures.
Si la personne qui effectue la visite n'est pas le soumissionnaire,
elle doit présenter une procuration dûment datée et signée lui donnant
tout pouvoir pour effectuer cette visite (voir annexe).
Le caractère obligatoire de cette visite est justifié par le fait que,
en déposant son offre, l'Entreprise est censée connaître parfaitement
la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès et
d'approvisionnement, la nature exacte des prestations et fournitures à
réaliser et les difficultés éventuelles que cette réalisation peut
rencontrer. Le soumissionnaire ne peut être en possession de ces
indications complètes qu'en effectuant cette visite en compagnie de
l'Auteur de projet et du Pouvoir adjudicateur.
Le lieu de rendez-vous est sur site, en venant par le Quai Banning à
4000 LIEGE, sur le parking du bâtiment Génie-Civil situé à droite en
fin de voirie d'accès au site.
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site
engendre la nullité de l'offre:
15/02/2016 à 10.00
L'Entreprise est réputée, pour l'exécution des travaux, s'être rendue
sur les lieux où les travaux doivent être réalisés et, préalablement à
la remise de son offre, avoir:
Procédé à une visite détaillée du terrain, des lieux, des bâtiments
existants et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
accès et aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied
d'uvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, lieux d'extraction de
matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'uvre, énergie
électrique, eau, installation et repli de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, voisinages, etc.).
Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et
documents utiles à la réalisation des travaux ainsi que du site, des
lieux et des implantations des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux.
Particulièrement, l'Entreprise a également pris connaissance des
contraintes d'exécution qui pourraient être, le cas échéant,
influencées par les activités continues sur le site.
Contrôlé les indications des documents de consultation, notamment
celles données par le cahier spécial des charges et les documents
graphiques et avoir recueilli tous renseignements complémentaires
éventuels auprès du Maître de l'ouvrage, de l'Auteur de projet et
également pris tous renseignements utiles auprès des services publics
ou de caractère public (IILE: Intercommunale d'Incendie de Liège &
Environs, Service des Eaux, Electricité et Gaz, Télédistribution,
etc.).
Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et
s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de
leurs particularités et de l'existence éventuelle d'éléments dont la
nature peut avoir des répercussions sur les travaux à exécuter.
Notamment, avoir pris connaissance de la nature du terrain et de ses
particularités géologiques (perméabilité importante de la zone
alluvionnaire à proximité de la Meuse, niveau de la nappe aquifère,
etc.).
Les soumissionnaires ne peuvent ultérieurement introduire, à l'encontre
du Maître de l'ouvrage ou de l'Auteur de projet, aucune réclamation du
chef d'un grief non signalé dans leur offre ou d'une mauvaise
compréhension des documents du marché.
L'état des constructions et du site peut avoir évolué entre le moment
de l'étude et le moment de la réalisation des travaux. Toutes les
remarques éventuelles au sujet de l'évolution des bâtiments et du site
comme il est dit ci-dessus, doivent figurer dans une note annexée à
l'offre. Elles ne peuvent avoir pour effet de contribuer à une
restriction ou une réserve.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von elektrischen Leitungen - DE-Zossen
Installation von elektrischen Leitungen
Einbruchmeldeanlagen
Installation von elektrischen Kabeln
Installation von Fernmeldeanlagen
Dokument Nr...: 23373-2016 (ID: 2016012309032362010)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
DE-Zossen: Installation von elektrischen Leitungen
2016/S 16/2016 23373
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)
Vergabestelle
Hauptallee 116/2; Zossen/OT Wünsdorf
15806 Zossen
DEUTSCHLAND
E-Mail: [6]info.vergabe@blb.brandenburg.de
Fax: +49 33702211-3399
Internet-Adresse(n):
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Polizeiinspektion Havelland, Falkensee, Neubau mit RSA, Fernmelde- und
Informationsanlagen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Polizeiinspektion Havelland, Finkenkruger Str. 73, 14612 Falkensee.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Fernmelde- und Informationsanlage.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45310000, 31625300, 45311100, 45314000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Fernsprech- und Datenleitungsnetz mit 5 Netzwerkschränken, ca. 4 400 m
Kabel und Leitungen, 30000 m Installationskabel Cat. 7; 1
Gegensprechanlage; Ergänzung eines Antennenmastes mit 1 SAT-Anlage;
Medien- und Videotechnik mit 3 LCD-Projektoren Projektionsleinwand und
1 Smartboard; 2Domekameras und 3 Netzwerkkameras, 1 Leitstellentisch,
höhenverstellbar, mti Pultaufsatz, 1 Notruf Behinderten-WC; 1
Audio-ringschleifenanlage, Einbruchmeldeanlage für einzelne Räume; 1
USV 15 kVA; Brandschottungen; Schlitz- und Bohrarbeiten.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 11.4.2016. Abschluss 6.12.2016
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Vertragserfüllung 5 v. H.
Mängelansprüche 3 v. H.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Vorzulegende Nachweise:
124; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
221 oder 222; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
Vereinbarung Vergabegesetz; Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung;
Wartungs-/Instandhaltungsvertrag mit Arbeitskarten; Mit dem Angebot;
Mittels Eigenerklärung;
223; Auf Anforderung der Vergabestelle; Mittels Eigenerklärung.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen.
Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
Adresse eingesehen werden:
[8]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen.
Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
Adresse eingesehen werden:
[9]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen.
Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.
Das Formblatt 124 liegt den Unterlagen bei und kann unter folgender
Adresse eingesehen werden:
[10]http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
NRP-L-30015376
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [11]2015/S 059-102858 vom 25.3.2015
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 18.2.2016 - 23:59
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
19.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 7.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19.2.2016 - 10:00
Ort:
Zossen OT Wünsdorf, Hauptallee 116/2.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
und ihre Bevollmächtigten.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Es erfolgt kein Versand der Ausschreibungsunterlagen.
Elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen:
[12]http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
Bekanntmachungs-ID: CXSEYYDYYP6.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium f. Wirtschaft u.
Europaangelegenheiten
Heinrich-Mann-Alle 107
14473 Potsdam
DEUTSCHLAND
Fax: +49 331866-1652
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Für
die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer
müssen die Fristen des *§ 107 GWB* beachtet werden. Die Vergabestelle
weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln
des § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 4 GWB hin. Diese hat jeder Bewerber oder
Bieter zu beachten, wenn er einen behaupteten Verstoß gegen das
Vergaberecht geltend machen möchte. § 107 Abs. 3 S. 1 GWB lautet:
Der Antrag (auf Nachprüfung) ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im
Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht
unverzüglich gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen
(BLB)-Justiziariat
Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 11
14473 Potsdam
DEUTSCHLAND
Fax: +49 33158181-199
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19.1.2016
References
6. mailto:info.vergabe@blb.brandenburg.de?subject=TED
7. http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
8. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
9. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
10. http://www.blb.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413605.de
11. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102858-2015:TEXT:DE:HTML
12. http://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Sand - DK-Hobro
Sand
Gummibodenplatten
Sportgeräte und -ausrüstungen
Maschinen und Geräte für Freizeitausrüstungen
Kletteranlagen für Spielplätze
Spielplatzausrüstungen
Wippen für Spielplätze
Tunnel für Spielplätze
Sitzreihen für Spielplätze
Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze
Dokument Nr...: 23473-2016 (ID: 2016012309041262089)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
DK-Hobro: Sand
2016/S 16/2016 23473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
DÄNEMARK
Telefon: +45 97113000
E-Mail: [4]indkob@mariagerfjord.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://mariagerfjord.dk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
14211000, 33682000, 37400000, 37480000, 37535220, 37535200, 37535250,
37535260, 37535280, 43325000
Beschreibung
Sand.
Gummibodenplatten.
Sportgeräte und -ausrüstungen.
Maschinen und Geräte für Freizeitausrüstungen.
Kletteranlagen für Spielplätze.
Spielplatzausrüstungen.
Wippen für Spielplätze.
Tunnel für Spielplätze.
Sitzreihen für Spielplätze.
Ausrüstung für Parkanlagen und Spielplätze.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Noles A/S
Brogesvej 18
7441 Bording
DÄNEMARK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 95 000 DKK
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
HAGS Danmark
Lyngbyvej 11, 1. sal
2100 København Ø
DÄNEMARK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 200 000 DKK
Auftrags-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Uniqa A/S
Industriparken 9
4640 Faxe
DÄNEMARK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 231 768 DKK
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Kompan Danmark
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 400 000 DKK
ohne MwSt
References
4. mailto:indkob@mariagerfjord.dk?subject=TED
5. http://mariagerfjord.dk/
OT: 23/01/2016 S16 - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse om indgåede
kontrakter - Offentligt udbud
Danmark-Hobro: Sand
2016/S 016-023473
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
DANMARK
Telefon: +45 97113000
Mailadresse: [6]indkob@mariagerfjord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
[7]http://mariagerfjord.dk
I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders
vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand
II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Renovering af Breum Børnehave og Aakjærskolen.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
NUTS-kode DK
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en eller flere kontrakter på grundlag af et
dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Skive Kommune ønsker at udbyde følgende 4 separate miniudbud under det
Dynamiske indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og
aktiveringsudstyr i Jysk Fællesindkøb.
Renovering af legeplads ved Breum Børnehave 95 000 DKK eksklusiv
moms
Renovering af område 1a ved Aakjærskolen 200 000 DKK eksklusiv moms
Renovering af område 1b ved Aakjærskolen 250 000 DKK eksklusiv moms
Renovering af område 1c ved Aakjærskolen 400 000 DKK eksklusiv
moms.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
14211000, 33682000, 37400000, 37480000, 37535220, 37535200, 37535250,
37535260, 37535280, 43325000
II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Økonomi. Vægtning 40
2. Funktionalitet. Vægtning 39
3. Kvalitet. Vægtning 21
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Forenklet udbudsbekendtgørelse om et dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsens nummer i EUT: [8]2015/S 162-295965 af 22.8.2015
Del V: Kontrakttildeling
Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Renovering af Breum Børnehaves legeplads
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
7.10.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
afgørelse om at indgå kontrakt med
Noles A/S
Brogesvej 18
7441 Bording
DANMARK
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 95 000 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Betegnelse: Renovering af eksisterende multibane etape
1a (ny belægning samt højt net)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26.10.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 6
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
afgørelse om at indgå kontrakt med
HAGS Danmark
Lyngbyvej 11, 1. sal
2100 København Ø
DANMARK
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 200 000 DKK
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Betegnelse: Tilbud på renovering af legeplads i grus ø
på Aakjærskolen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26.10.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
afgørelse om at indgå kontrakt med
Uniqa A/S
Industriparken 9
4640 Faxe
DANMARK
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 231 768 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 4 Betegnelse: Tilbud på etablering af klatrestativ på
Aakjærskolen
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26.10.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 7
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
afgørelse om at indgå kontrakt med
Kompan Danmark
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ
DANMARK
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 400 000 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: [9]klfu@erst.dk
VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Indgivelse af klager:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i
Den Europæiske Unions Tidende, om at ordregiveren har indgået en
kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen
er blevet offentliggjort jf. lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af
udbudsregler mv. Senest samtidig med at en klage indgives til
Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren
om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen
er afgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde
hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren
tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.
lovens § 12, stk. 1.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gasöle - FR-Nancy
Gasöle
Dokument Nr...: 23573-2016 (ID: 2016012309050462178)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
FR-Nancy: Gasöle
2016/S 16/2016 23573
DELPIA, 15100003100998, 47 rue Sainte Catherine, CS nº 60016, Bureau
marchés, Zu Händen von: Mme Reuille Christine, Nancy Cedex 54035,
FRANKREICH. Telefon: +33 383193356. Fax: +33 383193303
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.9.2015, [1]2015/S
169-307824)
Betr.:
CPV:09134000
Gasöle
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren war erfolglos
Weitere zusätzliche Informationen
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce n° 15-132815 , mise en ligne le 28.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307824-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 23/01/2016 S16 - - Fournitures - Informations complémentaires -
Procédure ouverte
France-Nancy: Gasoils
2016/S 016-023573
DELPIA, 15100003100998, 47 rue Sainte Catherine, CS nº 60016, Bureau
marchés, À l'attention de: Mme Reuille Christine, Nancy Cedex 54035,
FRANCE. Téléphone: +33 383193356. Fax: +33 383193303
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2.9.2015,
[1]2015/S 169-307824)
Objet:
CPV:09134000
Gasoils
Procédure incomplète
La procédure de passation a été déclarée infructueuse
Autres informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce n° 15-132815 , mise en ligne le 28.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gasförmige Brennstoffe - PL-Nowa Ruda
Gasförmige Brennstoffe
Erdgas
Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Transport in Rohrfernleitungen
Dokument Nr...: 23673-2016 (ID: 2016012309063562295)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
PL-Nowa Ruda: Gasförmige Brennstoffe
2016/S 16/2016 23673
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
Zu Händen von: Mariusz Fleszar
57-400 Nowa Ruda
POLEN
Telefon: +48 748720341
E-Mail: [4]miasto@um.nowaruda.pl
Fax: +48 7487202268
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://nowaruda.biuletyn.net/
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09120000, 09123000, 65200000, 60300000
Beschreibung
Gasförmige Brennstoffe.
Erdgas.
Gasversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste.
Transport in Rohrfernleitungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:miasto@um.nowaruda.pl?subject=TED
5. http://nowaruda.biuletyn.net/
OT: 23/01/2016 S16 - - Dostawy - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Nowa Ruda: Paliwa gazowe
2016/S 016-023673
Ogoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Mariusz Fleszar
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Tel.: +48 748720341
E-mail: [6]miasto@um.nowaruda.pl
Faks: +48 7487202268
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://nowaruda.biuletyn.net/
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: tak
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Bohaterów Getta 10
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczenia Europy w Nowej Rudzie
ul. Mikoaja Kopernika 6
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Gimnazjum nr 2 im. Marii Skodowskiej-Curie w Nowej Rudzie
ul. Akacjowa 8
57-402 Nowa Ruda
POLSKA
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
ul. Kolejowa 18
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Miejski Orodek Kultury w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2a
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 23
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Szkoa Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Sportowa 1a
57-400 Nowa Ruda
POLSKA
Szkoa Podstawowa nr 7 im. T. Kociuszki w Nowej Rudzie
ul. Szkolna 3
57-402 Nowa Ruda
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i
dla jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Gmina Miejska Nowa Ruda.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)
obejmujca sprzeda i dystrybucj do obiektów Zamawiajcego okrelonych
w zaczniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013
r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz.
942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942,
poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 2365 z póniejszymi zmianami)
kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie.
2) Przewidywane zuycie gazu ziemnego w okresie od 1.4.2016 do
31.12.2017 wynosi 12187448 kWh dla taryf W-3.6, W-4, W-5, W-6.1
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zaczniku nr 1,
stanowicym integraln cze niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3) Na koszt przedmiotu zamówienia skadaj si: opata za paliwo
gazowe, opata abonamentowa, opata dystrybucyjna staa i opata
dystrybucyjna zmienna.
4) W zwizku z charakterem zamówienia nie mona okreli dokadnego
zuycia paliwa gazowego objtego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu
Zamawiajcy przedstawi przewidywaln ilo zuycia. Zamawiajcy
przewiduje, i rzeczywista ilo zuycia paliwa gazowego moe ulec
zmianie, tj. zwikszeniu bd zmniejszeniu przy zachowaniu cen
jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zuycie paliwa gazowego
nie stanowi dla Zamawiajcego zobowizania do jego zakupu w podanej
wysokoci.
5) Zamawiajcy podczony jest do sieci dystrybucyjnej nalecej do
OSD: informacja zawarta w zaczniku nr 1, stanowicym integraln cz
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Wykonawca dokona wszelkich czynnoci i uzgodnie z OSD niezbdnych
do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego
rozpoczcia sprzeday paliwa gazowego, w tym w szczególnoci:
wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgoszenia do OSD
nowych umów sprzeday paliwa gazowego. Czynnoci te Wykonawca wykona na
podstawie stosownych penomocnictw udzielonych przez Zamawiajcego wraz
z zawarciem umów sprzeday paliwa gazowego.
7) Wykonawca zobowizuje si do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy paliwa gazowego zgodnie z Instrukcj Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
8) Dostarczane paliwo gazowe musi spenia standardy techniczne zgodnie
z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi
Normami.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
09120000, 09123000, 65200000, 60300000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
2 064 030,66.
Szacunkowa warto bez VAT: 2 064 030,66 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: tak
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 31.12.2017
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca przystpujcy do postpowania jest zobowizany wnie
wadium w kwocie: 40 000 PLN.
2) Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert,
3) Wadium moe by wniesione w:
a) pienidzu,
b) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy
oszczdnociowo-kredytowej, z tym, e porczenie kasy jest zawsze
porczeniem pieninym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804).
4) Dowód wniesienia wadium naley zaczy do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w pienidzu Wykonawca winien zaczy do
oferty orygina lub kopi potwierdzenia wykonania przelewu wadium
powiadczon za zgodno z oryginaem przez Wykonawc. Dla
pozostaych form wniesienia wadium wymagane jest zoenie wraz z ofert
dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty naley doczy (spi z
ofert) kopi skadanego dokumentu powiadczon za zgodno z
oryginaem przez Wykonawc. Wykonawca powinien zaczy do oferty
orygina dokumentu wniesienia wadium w osobnej koszulce, nie spinajc z
ofert. Zamawiajcy zwracajc wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci
Wykonawcy orygina dokumentu wniesienia wadium.
Okres wanoci wadium wniesionego w innej formie ni pienidzu, nie
moe by krótszy ni okres zwizania ofert. Jeeli wadium wnoszone
jest w pienidzu, za termin jego wniesienia uwaa si dat i godzin
wpywu rodków pieninych na konto bankowe Zamawiajcego.
Wadium wnoszone w pienidzu naley wpaci przelewem z konta Wykonawcy
na rachunek bankowy Zamawiajcego w GBS nr rachunku: 09 9536 0001 2001
0010 7868 0004 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na
Kompleksow dostaw gazu ziemnego dla Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie i
dla jednostek organizacyjnych.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Zawarte w projekcie umowy stanowicy zacznik do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy
speniaj warunki okrelone art.22 ust.1 ustawy, dotyczce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania.
Warunek ten zostanie speniony, jeeli Wykonawca wykae, i posiada:
a) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydan przez Prezesa Urzdu
Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy;
b) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydan przez Prezesa Urzdu
Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy- w przypadku
wykonawców bdcych Wacicielami sieci dystrybucyjnej;
c) zawart umow generaln z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na
wiadczenie usug dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje si
miejsce dostarczania gazu ziemnego- w przypadku Wykonawców nie bdcych
Wacicielami sieci dystrybucyjnej;
2) posiadania wiedzy i dowiadczenia:
a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
e posiada wiedz i dowiadczenie do wykonania zamówienia. Na
potwierdzenie spenienia warunku, Wykonawca skada owiadczenie o
spenianiu warunków udziau w postpowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp
zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ;
3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
e dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt.3 Pzp
zgodnie z za. nr 3 do SIWZ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy
,e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiajcej
wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu
warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp
zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, który nie podlegaj
wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. Ocena
speniania tego warunku nastpi na podstawie:
1) zoonego owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) zoonego aktualnego odpisu z waciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne
przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
skadania ofert,
3) zoonego aktualnego zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu
skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem
podatków lub zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawionego nie
wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert,
4) zoonego aktualnego zawiadczenia waciwego oddziau Zakadu
Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenia, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert,
5) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy, wystawionej nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
6) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
7) zoonej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
W celu wykazania spenienia warunku w postpowaniu dotyczcego braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postpowania o udzielenie zamówienia
w okolicznociach o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp Wykonawca wraz z
ofert skada list podmiotów nalecych do tej samej grupy
kapitaowej, albo informacj o tym, e nie naley do grupy kapitaowej.
Zgodnie z ustaw z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów przez
grup kapitaow rozumie si przez to wszystkich przedsibiorców,
którzy s kontrolowani w sposób bezporedni lub poredni przez jednego
przedsibiorc, w tym równie tego przedsibiorc. Zamawiajcy
informuje, e zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie
publicznych wykonawcy podlegaj wykluczeniu, gdy nalec do tej samej
grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634 z pón. zm.),
zoyli odrbne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w tym
samym postpowaniu, chyba, e wyka, e istniejce pomidzy nimi
powizania nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy
wykonawcami w postpowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunku na podstawie danych i
informacji zawartych w zaczonych dokumentach wg formuy spenia lub
nie spenia
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany
bdzie udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami
niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w
tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Ocena spenienia warunków udziau w postpowaniu nastpi przez analiz
dokumentów i owiadcze okrelonych w punkcie 12-15 niniejszej SIWZ,
zoonych przez Wykonawców.
Z treci zaczonych do oferty dokumentów musi wynika jednoznacznie,
e w/w warunki Wykonawca speni. Nie wykazanie spenienia
któregokolwiek ze wskazanych wyej warunków i wymogów skutkowa bdzie
wykluczeniem Wykonawcy z postpowania z zastrzeeniem art. 26 ust 3.11.
Warunki udziau w postpowaniu Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
udzielenie zamówienia
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
W przypadku skadania oferty przez Wykonawców wystpujcych wspólnie,
Wykonawcy ustanowi penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Penomocnictwo moe by przedoone wycznie w formie oryginau lub
kopii powiadczonej przez notariusza.
Jeeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia zostaa wybrana, Zamawiajcy moe da przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulujcej
wspóprac tych wykonawców.
Wykonawcy wystpujcy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za
wykonanie umowy. Kady oddzielnie z Wykonawców wystpujcych wspólnie
nie moe podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust.1
i 2 Pzp a take musi spenia wymogi, o których mowa w pkt 10 SIWZ z
tym, e ich wiedza i dowiadczenie, potencja techniczny, osoby zdolne
do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniane
bd cznie.
12. Wykaz Owiadcze lub dokumentów, jakie maja dostarczy wykonawcy w
celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu.
1) Owiadczenie Wykonawcy o spenianiu warunków udziau w postpowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych wg
zacznika nr 3 do SIWZ,
2) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydan przez Prezesa Urzdu
Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy,
3) aktualnie obowizujc koncesj na prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydan przez Prezesa Urzdu
Regulacji Energetyki, wan w okresie wykonywania umowy- w przypadku
wykonawców bdcych Wacicielami sieci dystrybucyjnej,
4) zawart umow generaln z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na
wiadczenie usug dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje si
miejsce dostarczania gazu ziemnego- w przypadku Wykonawców nie bdcych
Wacicielami sieci dystrybucyjnej.
13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postpowania o udzielenie zamówienia w okolicznociach o których mowa w
art. 24 ust. 1 Zamawiajcy da:
1) Owiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania
zgodnie z art. 24 ust 1 Wykonawca skada owiadczenie, którego wzór
stanowi zacznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert;
3) aktualnego zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert;
4) aktualnego zawiadczenia waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenia, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
14. W celu wykazania wymogu okrelonego w art. 26 ust. 2 d Pzp
Wykonawca powinien przedoy:
1) List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej albo
informacj o tym, e wykonawca nie naley do tej samej grupy
kapitaowej (zacznik nr 5).
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: A) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca
owiadczy ,e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umoliwiajcej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu
warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
zgodnie z zacznikiem nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Na potwierdzenie
warunku Wykonawca skada owiadczenia o spenianiu warunków udziau w
postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zgodnie z zacznikiem
nr 3 do SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
A) Zamawiajcy uzna, e warunek jest speniony gdy Wykonawca owiadczy,
e dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp.
zgodnie z za. nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spenienia warunku Wykonawca skada owiadczenie o
spenianiu warunków udziau w postpowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp
zgodnie z za. nr 3 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
OR.271.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpatne: nie
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
1.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.3.2016 - 10:15
Miejscowo:
Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego w sali nr 308, ul.
Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda, w dniu 1.3.2016.
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogosze: Padziernik 2017 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
Postpu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: [8]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587868
Adres internetowy: [9]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Wykonawcom,
których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub moe dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych, jak te postanowie niniejszej SIWZ,
przysuguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
(art. 179-198).
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
jak w pkt. VI.4.1)
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Operationshandschuhe - CZ-Dobany
Operationshandschuhe
Dokument Nr...: 2373-2016 (ID: 2016010609031839750)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
CZ-Dobany: Operationshandschuhe
2016/S 3/2016 2373
Psychiatrická nemocnice v Dobanech, 00669792, ul. Ústavní, Zu Händen
von: Milan Vrabec, Dobany 334 41, TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420
377813422. E-Mail: mtz@pld.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 12.12.2015, [1]2015/S
241-437053)
Betr.:
CPV:33141420
Operationshandschuhe
Anstatt:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
8.2.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
8.2.2016 (10:15)
muss es heißen:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
12.2.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
12.2.2016 (10:15)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437053-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 06/01/2016 S3 - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
ízení
eská republika-Dobany: Chirurgické rukavice
2016/S 003-002373
Psychiatrická nemocnice v Dobanech, 00669792, ul. Ústavní, K rukám:
Milan Vrabec, Dobany 334 41, ESKÁ REPUBLIKA. Tel.: +420 377813422.
E-mail: mtz@pld.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 12.12.2015, [1]2015/S
241-437053)
Pedmt:
CPV:33141420
Chirurgické rukavice
Namísto:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
8.2.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
8.2.2016 (10:15)
tte:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
12.2.2016 (10:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
12.2.2016 (10:15)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DE-Hamburg
Arzneimittel
Dokument Nr...: 23773-2016 (ID: 2016012309072662397)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
DE-Hamburg: Arzneimittel
2016/S 16/2016 23773
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
DAK-Gesundheit
Nagelsweg 27-31
Kontaktstelle(n): Strategischer Einkauf und Vergabestelle II 0042 60
20097 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 402396-2779
E-Mail: [6]vergabestelle@dak.de
Fax: +49 402396-3661
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.dak.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
Sozialwesen
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8
SGB V zum Wirkstoff Mycophenolsäure (magensaftresistent 180/360 mg),
ATC L04AA06, für die Zeit vom 1.3.2016 bis spätestens zum 28.2.2018.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
NUTS-Code DE
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
§ 130a Absatz 8 SGB V ermöglicht den Krankenkassen und pharmazeutischen
Unternehmen, Rahmenrabattverträge über die zu Lasten der gesetzlichen
Krankenkassen abzugebenden Arzneimittel zu schließen. In Hinblick auf
die dafür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Vergabe
öffentlicher Aufträge, findet ein regelmäßiger Prozess
wirkstoffbezogener, förmlicher Vergabeverfahren nach den Regularien des
4. Teils des GWB durch die DAK-Gesundheit statt. Für vom Bieter näher
in der Anlage 2 zum Vertrag zu benennende Arzneimittel zu dem o. g.
Wirkstoff (Mycophenolsäure (magensaftresistent 180/360 mg), ATC
L04AA06) beabsichtigt die DAK-Gesundheit allerdings, bis zum
In-Kraft-treten neuer Arzneimittelrabattverträge mit möglichst allen,
zumindest allen interessierten pharmazeutischen Unternehmen
Arzneimittelrabattverträge abzuschließen. Dabei geht die DAK-Gesundheit
davon aus, dass dieses Verfahren auf Grund einer fehlenden
Auswahlentscheidung und mithin der diskriminierungsfreien
Zugangsmöglichkeit aller pharmazeutischen Unternehmen nicht in den
Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts fällt. Ein Rabattvertrag
im Rahmen des Zulassungsmodells tritt erstmals am 1.3.2016 in Kraft und
endet spätestens am 28.2.2018. Er endet unabhängig davon automatisch
mit Inkrafttreten des Exklusivvertrages zu o. g. Wirkstoff in Folge
eines förmlichen Vergabeverfahrens nach den Regularien des 4. Teils des
GWB mit einem oder mehreren Vertragspartnern. Um der Vielfalt der
potentiellen Vertragspartner im Rahmen des Zulassungmodells gerecht zu
werden, wird jedem pharmazeutischen Unternehmen während der
Vertragslaufzeit der Abschluss eines Rahmenvertrags zu jeder Zeit und
zu den gleichen Bedingungen ermöglicht. Die hierzu erforderlichen
Vertragsunterlagen können über folgende E-Mailadresse abgefordert
werden: [8]vergabestelle@dak.de
Voraussetzungen für den Abschluss, bzw. den späteren Beitritt zu den
erstmals am 1.3.2016 in Kraft tretenden Verträgen ist die vollständige
und rechtzeitige Übersendung folgender Nachweise/Erklärungen/Anlagen
(erhältlich auf Anforderung bei vorstehender Kontaktstelle:
[9]Vergabestelle@dak.de) an die nachstehend aufgeführte Kontaktperson
bei der DAK-Gesundheit:
1. Angebotsschreiben.
2. Aktueller Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder
Handelsregister (nicht älter als 6 Monate bei Versendung) nach Maßgabe
der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen ansässig ist,
z.B. aktueller Handelsregisterauszug; Kopie ist ausreichend.
3. Eigenerklärung des Unternehmens, dass keines der Ausschlusskriterien
gemäß § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt. Dazu ist die Anlage A1 der
Bewerbungsbedingungen, zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen
und im Original mit dem Angebot einzureichen.
4. Eigenerklärung darüber, dass für diejenigen Arzneimittel, für die
der Interessent einen Vertrag im Rahmen dieses Verfahrens abschließen
möchte, eine arzneimittelrechtliche Zulassung besteht und dass der
Bieter zum Vertragsbeginn zum Vertrieb berechtigt ist. Dazu ist die
Anlage A2 der Bewerbungsbedingungen zu unterschreiben, mit
Firmenstempel zu versehen und im Original mit dem Angebot einzureichen.
5. Anerkennung der vertraglichen Maßgaben der DAK-Gesundheit,
insbesondere auch der vorgegebenen Rabatte durch Unterzeichnung des mit
einem Firmenstempel versehenen Vertrages (3-fach im Original) durch den
Interessenten an der vorgesehenen Stelle.
6. Die ausgefüllten Anlagen 1 und 2 zum Vertrag (je 3-fach im
Original). Der Interessent hat hier die Arzneimittel zu dem o.g.
Wirkstoff einzutragen, welche Vertragsgegenstand werden sollen.
Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
[10]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit,
unabhängig vom Auftragswert.
Die Unterlagen sind auf postalischem Weg einzureichen bei:
DAK-Gesundheit,
Dr. Claudia Heilig (0032 50),
Nagelsweg 27-31,
20097 Hamburg.
Weiterhin ist die Anlage 2 als Exceldatei zeitgleich an die Mailadresse
[11]am_rabattvertraege@dak.de zu schicken.
Verträge im Rahmen dieses Modells und zu o. g. Wirkstoff werden
erstmalig mit Wirkung zum 1.3.2016 abgeschlossen. Interessenten, die zu
diesem Termin Vertragspartner werden wollen, haben die o. g.,
einzureichenden Unterlagen bis zum 5. des Vormonats bei o. g. Stelle
einzureichen. Es kommt hierbei auf den rechtzeitigen Zugang bei der
DAK-Gesundheit an. Spätere Beitritte sind jederzeit möglich. Um während
der Laufzeit des Vertrages zum ersten oder fünfzehnten des Folgemonats
beitreten zu können, müssen die oben bezeichneten Unterlagen,
unabhängig vom gewünschten Beitritt, der DAK-Gesundheit bis zum 5. des
Vormonats vorliegen. Auch hierbei kommt es auf den rechtzeitigen Zugang
bei der DAK-Gesundheit an.
Beispiel: Der vom Bieter gewünschte Beitritt soll zum 15.07.20xx
(Folgemonat) erfolgen, die Unterlagen müssten hierfür bis zum
05.06.20xx (Vormonat) vorliegen.
Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgt hier unter Verwendung des
Formulars für Offene Verfahren. Wie bereits deutlich gemacht, handelt
es sich hier um ein solches nicht die Bekanntmachung musste aus
technischen Gründen verwendet werden, da es kein für
Zulassungsverfahren passendes Formular gibt.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33600000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: 1. Aktueller Nachweis der Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister (nicht älter als 6 Monate bei Versendung)
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unternehmen
ansässig ist, z. B. aktueller Handelsregisterauszug; Kopie ist
ausreichend.
2. Eigenerklärung des Unternehmens, dass keines der Ausschlusskriterien
gemäß § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt. Dazu ist die Anlage A1 der
Bewerbungsbedingungen, zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen
und im Original einzureichen.
Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
[12]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit,
unabhängig vom Auftragswert.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Eigenerklärung darüber, dass für diejenigen
Arzneimittel, für die der Interessent den Vertrag im Rahmen dieses
Verfahrens abschließen möchte, eine arzneimittelrechtliche Zulassung
besteht und dass der Bieter zum Vertragsbeginn zum Vertrieb berechtigt
ist. Dazu ist die Anlage A2 der Bewerbungsbedingungen zu
unterschreiben, mit Firmenstempel zu versehen und im Original
einzureichen.
Die DAK-Gesundheit hat über die europäische Bekanntmachungsplattform
ein sog. Präqualifikationsverfahren für pharmazeutische Unternehmen für
die vereinfachte Teilnahme an zukünftigen
Arzneimittelrabattausschreibungen veröffentlicht (EU-Bekanntmachung
[13]2015/S 105-190319 vom 3.6.2015). Sofern der Bieter rechtzeitig vor
Einreichung der Unterlagen einen wirksamen Präqualifikationsbescheid
von der DAK-Gesundheit erhalten hat, braucht er die
unternehmensbezogenen Eignungsnachweise (Nachweis der Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister, Eigenerklärung des Unternehmens, dass
keines der Ausschlusskriterien gem. § 6 Abs. 4 und 6 VOL/A-EG vorliegt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse) unter
Hinweis und Beifügung des Präqualifikationsbescheides in Kopie nicht
mehr beizufügen. Die Anlage A2 ist in jedem Fall beizufügen.
Der Präqualifikationsbescheid der DAK-Gesundheit dient entsprechend
auch als Nachweis bei Open-House-Verfahren der DAK-Gesundheit.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.1.2018
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
DEUTSCHLAND
E-Mail: [14]poststelle@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Internet-Adresse: [15]http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499400
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Hinweis: Der erste Zuschlag in diesem Verfahren wird frühestens 10
Kalendertage nach Veröffentlichung der EU-Bekanntmachung im Amtsblatt
erteilt.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
DEUTSCHLAND
E-Mail: [16]poststelle@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 22894990
Internet-Adresse: [17]http://www.bundeskartellamt.de
Fax: +49 2289499400
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18.1.2016
References
6. mailto:vergabestelle@dak.de?subject=TED
7. http://www.dak.de/
8. mailto:vergabestelle@dak.de?subject=TED
9. mailto:Vergabestelle@dak.de?subject=TED
10. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
11. mailto:am_rabattvertraege@dak.de?subject=TED
12. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190319-2015:TEXT:DE:HTML
14. mailto:poststelle@bundeskartellamt.de?subject=TED
15. http://www.bundeskartellamt.de/
16. mailto:poststelle@bundeskartellamt.de?subject=TED
17. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verschiedene Druckerzeugnisse - DE-München
Verschiedene Druckerzeugnisse
Dokument Nr...: 23873-2016 (ID: 2016012309081962498)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
DE-München: Verschiedene Druckerzeugnisse
2016/S 16/2016 23873
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
MDK Bayern
Haidenauplatz 1
Zu Händen von: Melanie Beimler
81667 München
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8967008216
E-Mail: [6]melanie.beimler@mdk-bayern.de
Fax: +49 8967008442
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.mdk-bayen.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Druck- und Buchbindearbeiten.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
München.
NUTS-Code DE212
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Höchstzahl der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten: 5
Laufzeit der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Jahren: 4
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Die Ausschreibung beinhaltet folgende Druckaufträge und wird in
entsprechende Lose aufgeteilt:
LOS 1 =>Im Los 1 befinden sich folgende Produkte: Block DIN A4 mit MDK
Logo, Block DIN A5 mit MDK Logo, Block DIN A6 mit MDK Logo, Briefbogen
MDK, Dauerflyer, Flyer Pflegebegutachtung, Flyer Wir sind für Sie da,
Handout, Handzettel, Jahresbericht, Karte Abwesenheit,
Bewertungskarte, Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterzeitung, Namensblock,
Pflegefragebogen, Pressestimmen, Tischaufsteller, Veranstaltungsflyer,
Versichertenbefragung, Zertifikate
LOS 2 => Im Los 2 befinden sich folgende Produkte: Monatskalender,
Tischquerkalender
LOS 3 => Im Los 3 befinden sich folgende Produkte: Posterdrucke A0,
Posterdrucke A2
LOS 4 => Im Los 4 befindet sich folgendes Produkt: Visitenkarten
LOS 5 => Im Los 5 befindet sich folgendes Produkt: Kompaktbriefhüllen,
Versandtaschen mit Aufdruck.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Druck- und Buchbindearbeiten inkl. Versand
1)Kurze Beschreibung
Block DIN A4 mit MDK Logo, Block DIN A5 mit MDK Logo, Block DIN A6 mit
MDK Logo, Briefbogen MDK, Dauerflyer, Flyer Pflegebegutachtung, Flyer
Wir sind für Sie da, Handout, Handzettel, Jahresbericht, Karte
Abwesenheit, Bewertungskarte, Mitarbeiterbefragung,
Mitarbeiterzeitung, Namensblock, Pflegefragebogen, Pressestimmen,
Tischaufsteller, Veranstaltungsflyer, Versichertenbefragung,
Zertifikate.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Kalender inkl. Versand
1)Kurze Beschreibung
Monatskalender, Tischquerkalender.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3 Bezeichnung: Poster inkl. Versand
1)Kurze Beschreibung
Posterdrucke A0, Posterdrucke A2.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4 Bezeichnung: Visitenkarten
1)Kurze Beschreibung
Visitenkarten.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 5 Bezeichnung: Kompaktbriefhüllen, Versandtaschen mit Aufdruck
1)Kurze Beschreibung
Kompaktbriefhüllen, Versandtaschen mit Aufdruck.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22900000
3)Menge oder Umfang
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Keine Sicherheit, keine Kautionen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Keine.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Mit der Abgabe des Angebots hat der Bieter
gleichzeitig zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angeben zu machen.
Das Fehlen dieser Unterlagen führt zwingend zum Ausschluss aus dem
Vergabeverfahren!
Dem Angebot müssen folgende Nachweise beigefügt werden, diese dürfen
nicht älter als 6 Monate sein (Stichtag ist die Abgabefrist des
Angebots):
Nachweis der Eintragung im Berufs- und/oder Handelsregister nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Bieter ansässig
ist.
Bescheinigungen der Berufsgenossenschaft oder einer vergleichbaren
Einrichtung des jeweiligen Staates darüber, dass der Bieter die
diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Vorlage eines aktuellen Jahresabschlusses und
Darlegung des Gesamtumsatzes, der Leistungsart, die Gegenstand der
Vergabe ist, für die letzten drei Geschäftsjahre. Bescheinigung der
zuständigen Stellen des jeweiligen Mitgliedsstaates, aus denen
hervorgeht, dass die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeiträge,
Steuern und Abgaben nach den Rechtsvor-schriften des Landes der
Gemeinschaft, in der er ansässig ist erfüllt werden.
Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde seines Ursprungs-
oder Herkunftslandes, aus der hervorgeht, dass über das Vermögen des
Unternehmens nicht das Insolvenzverfahren, das Vergleichsverfahren bzw.
ein vergleichbares gesetzliches Verfahren er-öffnet wurde und auch
nicht dessen Eröffnung beantragt worden ist und dass das Unternehmen
sich nicht in Liquidation befindet.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Nachweis über die Lieferung an vergleichbare Kunden.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
FSC Zertifizierung (Papier aus verantwortungsvollen Quellen) oder
gleichwertig
PSO Zertifizierung (Der Prozess Standard Offsetdruck) oder
gleichwertig
CO^2 Zertifizierung oder gleichwertig
PEFC-Zertifizierung oder gleichwertig.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
Druck- und Buchbindearbeiten
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
17.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 24.5.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21.3.2016 - 10:00
Ort:
MDK Bayern, Haidenauplatz 1
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80536 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [8]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20.1.2016
References
6. mailto:melanie.beimler@mdk-bayern.de?subject=TED
7. http://www.mdk-bayen.de/
8. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Grundstückspflege - UK-Braintree
Ausrüstung für Grundstückspflege
Dokument Nr...: 23973-2016 (ID: 2016012309092262596)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
UK-Braintree: Ausrüstung für Grundstückspflege
2016/S 16/2016 23973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Braintree District Council
Causeway House, Bocking End
Kontaktstelle(n): Essex Procurement Hub
CM7 9HB Braintree
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1376551414
E-Mail: [4]procurement@braintree.gov.uk
Fax: +44 1376557792
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.braintree.gov.uk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
43325100
Beschreibung
Ausrüstung für Grundstückspflege.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 10 000 000 GBP
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ernest Doe & Sons Ltd
Ulting
CM9 6QH Maldon
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [6]AndyTurbin@ernestdoe.com
Telefon: +44 1245383528
Internet-Adresse: [7]www.ernestdoe.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 10 000 000 GBP
ohne MwSt
Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
P Tuckwell Ltd
Ardleigh Hall, Dedham Road
CO7 7LG Colchester
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [8]james@tuckwellgroup.com
Telefon: +44 1206230283
Internet-Adresse: [9]www.tuckwell.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
TH White Ltd
Nursteed Road, Wiltshire
SN10 3EA Devizes
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [10]tjl@thwhite.co.uk
Telefon: +44 1380722381
Internet-Adresse: [11]www.thwhite.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
George Browns Implements Ltd
Grovebury Road, Leighton, Bedfordshire
LU7 4UX Buzzard
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [12]info@georgebrowns.co.uk
Telefon: +44 1525372062
Internet-Adresse: [13]www.georgebrowns.co.uk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 1 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lely UK Ltd
1 Station Road, Cambridgeshire
PE19 1QH St Neots
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [14]sales.uk@lely.com
Telefon: +44 1480226800
Internet-Adresse: [15]www.lely.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:procurement@braintree.gov.uk?subject=TED
5. http://www.braintree.gov.uk/
6. mailto:AndyTurbin@ernestdoe.com?subject=TED
7. http://www.ernestdoe.com/
8. mailto:james@tuckwellgroup.com?subject=TED
9. http://www.tuckwell.co.uk/
10. mailto:tjl@thwhite.co.uk?subject=TED
11. http://www.thwhite.co.uk/
12. mailto:info@georgebrowns.co.uk?subject=TED
13. http://www.georgebrowns.co.uk/
14. mailto:sales.uk@lely.com?subject=TED
15. http://www.lely.com/
OT: 23/01/2016 S16 - - Supplies - Contract award notice - Restricted
procedure
United Kingdom-Braintree: Grounds-maintenance equipment
2016/S 016-023973
Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Braintree District Council
Causeway House, Bocking End
Contact point(s): Essex Procurement Hub
CM7 9HB Braintree
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1376551414
E-mail: [6]procurement@braintree.gov.uk
Fax: +44 1376557792
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.braintree.gov.uk
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes
As specified in Section II.1.4)
N/A
UNITED KINGDOM
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Grounds Maintenance Equipment.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
A combination of these
NUTS code UK
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Grounds-maintenance equipment. This framework is for the supply of all
types of grounds maintenance equipment from tractors, gang-mowers,
mowers, rotavator, chainsaws, strimmers, etc.
This Framework Agreement as described above is available to all UK
public bodies. This includes local authorities, educational
establishments, registered providers and emergency services, NHS
bodies, central government departments and their agencies and also
registered charities. See the following websites for details:
[8]http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/index.htm
[9]http://www.edubase.gov.uk/EstablishmentFind.aspx
[10]http://www.schoolswebdirectory.co.uk/localauthorities.php
[11]http://www.hero.ac.uk/uk/universities___colleges/
[12]http://www.police-information.co.uk/police-directory/
[13]http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx
[14]http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/AZOfCentralGovernment/i
ndex.htm
[15]http://www.charity-commission.gov.uk/registeredcharities/first.asp
[16]http://www.direct.gov.uk/en/DI1/Directories/Localcouncils/AToZOfLoc
alCouncils/DG_A-Z_LG
[17]http://www.housingcorp.gov.uk/server/show/nav.490
[18]http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browser/Labour-Market/
[19]http://new.wales.gov.uk/?lang=en
[20]http://www.northernireland.gov.uk/az2.htm
[21]http://www.police-information.co.uk/police-directory/index.php?cat=
6&subcat=29 [22]http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs.php
[23]http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/citizens_advice_offi
ces.htm
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
43325100
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 10 000 000 GBP
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Price. Weighting 60
2. Geographical coverage. Weighting 10
3. Aftersales support. Weighting 10
4. Technical support. Weighting 10
5. Range of equipment/units. Weighting 10
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
PROC15-0107
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: [24]2015/S 042-071649 of 28.2.2015
Section V: Award of contract
Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
title: National
V.1)Date of contract award decision:
23.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Ernest Doe & Sons Ltd
Ulting
CM9 6QH Maldon
UNITED KINGDOM
E-mail: [25]AndyTurbin@ernestdoe.com
Telephone: +44 1245383528
Internet address: [26]www.ernestdoe.com
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 10 000 000 GBP
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
title: National
V.1)Date of contract award decision:
23.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
P Tuckwell Ltd
Ardleigh Hall, Dedham Road
CO7 7LG Colchester
UNITED KINGDOM
E-mail: [27]james@tuckwellgroup.com
Telephone: +44 1206230283
Internet address: [28]www.tuckwell.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
title: National
V.1)Date of contract award decision:
23.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
TH White Ltd
Nursteed Road, Wiltshire
SN10 3EA Devizes
UNITED KINGDOM
E-mail: [29]tjl@thwhite.co.uk
Telephone: +44 1380722381
Internet address: [30]www.thwhite.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
title: National
V.1)Date of contract award decision:
23.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
George Browns Implements Ltd
Grovebury Road, Leighton, Bedfordshire
LU7 4UX Buzzard
UNITED KINGDOM
E-mail: [31]info@georgebrowns.co.uk
Telephone: +44 1525372062
Internet address: [32]www.georgebrowns.co.uk
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Lot No: 1 - Lot title: South East England / East AngliaLot No: 2 - Lot
title: National
V.1)Date of contract award decision:
23.11.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
Number of offers received by electronic means: 0
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Lely UK Ltd
1 Station Road, Cambridgeshire
PE19 1QH St Neots
UNITED KINGDOM
E-mail: [33]sales.uk@lely.com
Telephone: +44 1480226800
Internet address: [34]www.lely.com
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
To view this notice, please click here:
[35]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=1847
37057
GO Reference: GO-2016121-PRO-7609451.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermögensversicherungen - UK-Glasgow
Vermögensversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Berufshaftplichtversicherungen
Unfallversicherungen
Maschinenbetriebsversicherungen
Kraftfahrzeugversicherungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Veruntreuungsversicherungen
Dokument Nr...: 24073-2016 (ID: 2016012309102262692)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
UK-Glasgow: Vermögensversicherungen
2016/S 16/2016 24073
Milnbank Housing Association Ltd, 53 Ballindalloch Drive, c/o Bruce
Stevenson Insurance Brokers, Zu Händen von: Steven Young, Glasgow G31
3DQ, VEREINIGTES KÖNIGREICH. Telefon: +44 1413544487. Fax: +44
1413543888. E-Mail: steven.young@brucestevenson.co.uk
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
250-458396)
Betr.:
CPV:66515200, 66516000, 66516500, 66512100, 66519200, 66514110,
66000000, 66515411
Vermögensversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Berufshaftplichtversicherungen
Unfallversicherungen
Maschinenbetriebsversicherungen
Kraftfahrzeugversicherungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Veruntreuungsversicherungen
Anstatt:
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents or descriptive document:
18.1.2016
muss es heißen:
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents or descriptive document:
5.2.2016
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458396-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 23/01/2016 S16 - - Services - Additional information - Open
procedure
United Kingdom-Glasgow: Property insurance services
2016/S 016-024073
Milnbank Housing Association Ltd, 53 Ballindalloch Drive, c/o Bruce
Stevenson Insurance Brokers, For the attention of: Steven Young,
Glasgow G31 3DQ, UNITED KINGDOM. Telephone: +44 1413544487. Fax: +44
1413543888. E-mail: steven.young@brucestevenson.co.uk
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.12.2015,
[1]2015/S 250-458396)
RE:
CPV:66515200, 66516000, 66516500, 66512100, 66519200, 66514110,
66000000, 66515411
Property insurance services
Liability insurance services
Professional liability insurance services
Accident insurance services
Engineering insurance services
Motor vehicle insurance services
Financial and insurance services
Pecuniary loss insurance services
Instead of:
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents or descriptive document:
18.1.2016
Read:
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents or descriptive document:
5.2.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Umfragen - FR-Nantes
Umfragen
Dokument Nr...: 24173-2016 (ID: 2016012309111562792)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
FR-Nantes: Umfragen
2016/S 16/2016 24173
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
Zu Händen von: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 9
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[4]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
Weitere Auskünfte erteilen: Nantes Métropole
Direction de la circulation, 5 rue de Saverne
Zu Händen von: Anne-Sophie Maurice
44923 Nantes Cedex 9
E-Mail: [5]anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr
Fax: 02 40 99 56 72
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Nantes Métropole
Direction de la commande publique service des marchés immeuble
Valmy 11 avenue Carnot ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
Zu Händen von: Laure Talguen
44923 Nantes Cedex 9
Telefon: 02 40 99 23 78
Fax: 02 40 99 62 40
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Nantes Métropole
Direction de la commande publique service des marchés immeuble
Valmy 11 avenue Carnot ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
44923 Nantes Cedex 9
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79311000
Beschreibung
Umfragen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
Sonstige: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents de présentation associés ou
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
References
4. http://marchespublics.nantesmetropole.fr/
5. mailto:anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr?subject=TED
OT: 23/01/2016 S16 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
France-Nantes: Services d'études
2016/S 016-024173
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
À l'attention de: Mme la présidente
44923 Nantes Cedex 9
FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[6]http://marchespublics.nantesmetropole.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Nantes Métropole
Direction de la circulation, 5 rue de Saverne
À l'attention de: Anne-Sophie Maurice
44923 Nantes Cedex 9
E-mail: [7]anne-sophie.maurice@nantesmetropole.fr
Fax: 02 40 99 56 72
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Nantes Métropole
Direction de la commande publique service des marchés immeuble
Valmy 11 avenue Carnot ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
À l'attention de: Laure Talguen
44923 Nantes Cedex 9
Téléphone: 02 40 99 23 78
Fax: 02 40 99 62 40
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Nantes Métropole
Direction de la commande publique service des marchés immeuble
Valmy 11 avenue Carnot ouvert de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
44923 Nantes Cedex 9
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
Environnement
Affaires économiques et financières
Logement et équipements collectifs
Autre: Transports, voirie
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Réalisation d'études de circulation sur le territoire de Nantes
Métropole marché à bons de commande.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 10: Services d'études de marché et de sondages
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Territoire de Nantes Métropole.
Code NUTS FR511
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de laccord-cadre
Durée en années: 4
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour lensemble de la
durée de laccord-cadre
Fréquence et valeur des marchés à attribuer: Marché à bons de commande
avec minimum et maximum:
pour la période initiale de 2 ans: mini: 62 500 EUR HT / maxi: 167
000 EUR HT;
pour chaque période de reconduction d'un an: mini: 31 250 EUR HT /
maxi: 167 000 EUR HT.
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Les études de circulation ont pour objectif de répondre à des
questionnements sur un périmètre local en allant jusqu'à la commune, et
en intégrant tous les modes de déplacements. Les études de circulation
sont une aide à la décision. Elles doivent donc comporter des éléments
de comparaison et lister des avantages / inconvénients des différentes
solutions.
Elles doivent être force de propositions et doivent explorer
différentes hypothèses pour atteindre les objectifs (plans de
circulation, aménagements classiques et/ou innovants).
Les aménagements, les plans de circulation ... apportent du changement
dans les habitudes de déplacements et, peut-être, des contraintes de
circulation. Les objectifs des études sont d'accompagner ces
changements et de proposer des solutions (aménagements et/ou adaptation
du plan de circulation principalement) pour que ces changements soient
les moins pénalisants possibles pour tous les modes de déplacement.
Le rééquilibrage du partage des voies induit d'autres utilisations des
voies adjacentes qu'il faut également anticiper et accompagner.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
79311000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Garantie à première demande pour le versement de l'avance.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Modalités de paiement: articles 86 à 111 du code des marchés publics.
Décret 2013-269 du 29.3.2013.
modalités de financement: ressources propres Nantes Métropole.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Critère de sélection des candidats: capacités
professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique:
L'imprimé Dc1 (lettre de candidature, anciennement formulaire DC 4)
dûment rempli et signé doit obligatoirement être fourni à l'appui de la
candidature, que celle-ci soit présentée à titre individuel ou en
groupement.
Pour fournir les renseignements demandés, le candidat peut utiliser le
formulaire DC 2 (anciennement formulaire Dc5) ou équivalent.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire (cadre D2 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document).
Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat (cadre C1 du Dc2 à remplir si utilisation de ce
document).
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et
le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cadre D1 du
document Dc2 à remplir si utilisation de ce document).
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout
document complémentaire);
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour
chacune des 3 dernières années (en annexe au Dc2 si utilisation de ce
document et tout document complémentaire).
La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment
par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie
pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux exigés pour lui par le
pouvoir adjudicateur. En outre, il apporte la preuve qu'il disposera de
ces capacités pour l'exécution du marché.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
16FA001
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
1.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
Autre: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents de présentation associés ou
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Rubrique II.3 la date d'attribution du contrat s'entend comme la date
de notification.
Date prévisionnelle du début des prestations: avril 2016
Le marché est conclu pour une période initiale de 2 ans à compter de sa
notification.
Il pourrait être reconduit 2 fois par périodes successives d'un an,
selon les conditions visées au CCAP.
Le présent accord-cadre est un marché à bons de commandes au sens du
droit français.
Adresse de consultation, de téléchargement et de réponse par voie
électronique: [8]https://marchespublics.nantesmetropole.fr
La transmission électronique des candidatures et des offres n'est pas
obligatoire.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée Île Gloriette, BP 24111
44000 Nantes Cedex 01
E-mail: [9]greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone: (+33) 2 40 99 46 00
Fax: (+33) 2 40 99 46 58
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée Île Gloriette, BP 24111
44000 Nantes Cedex 01
E-mail: [10]greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone: (+33) 2 40 99 46 00
Fax: (+33) 2 40 99 46 58
VI.5)Date denvoi du présent avis:
19.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden - FR-Paris
Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
Dokument Nr...: 24273-2016 (ID: 2016012309122762901)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
FR-Paris: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
2016/S 16/2016 24273
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Paris Habitat OPH
21 bis rue Claude Bernard
Zu Händen von: M. le directeur général de Paris Habitat OPH
75253 Paris
FRANKREICH
Telefon: +33 171370000
Fax: +33 171370014
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]http://www.parishabitatoph.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Paris Habitat
Soit par voir postale: Paris Habitat-OPH direction des affaires
juridiques et des marchés a l'attention du service Marchés 21 bis
rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 03., soit dépôt sur place: Paris
Habitat OPH à l'attention du service marchés service courrier 26
rue Broca, 75005 Paris. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9:00
à 16:00, après présentation du récepissé annexé au dossier de
candidature
Zu Händen von: Direction des affaires juridiques et des marchés
75005 Paris
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71221000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.2.2016 - 16:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. http://www.parishabitatoph.fr/
5. http://marches-publics.parishabitatoph.fr/
OT: 23/01/2016 S16 - - Services - Avis de marché - Procédure
négociée
France-Paris: Services d'architecte pour les bâtiments
2016/S 016-024273
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Paris Habitat OPH
21 bis rue Claude Bernard
À l'attention de: M. le directeur général de Paris Habitat OPH
75253 Paris
FRANCE
Téléphone: +33 171370000
Fax: +33 171370014
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[6]http://www.parishabitatoph.fr
Adresse du profil dacheteur:
[7]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Paris Habitat
Soit par voir postale: Paris Habitat-OPH direction des affaires
juridiques et des marchés a l'attention du service Marchés 21 bis
rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 03., soit dépôt sur place: Paris
Habitat OPH à l'attention du service marchés service courrier 26
rue Broca, 75005 Paris. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9:00
à 16:00, après présentation du récepissé annexé au dossier de
candidature
À l'attention de: Direction des affaires juridiques et des marchés
75005 Paris
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération d'amélioration thermique et
de requalification des espaces extérieurs et parties communes du groupe
immobilier Meaux Armand Carrel composé de 425 logements à Paris 19ème.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La présente consultation porte sur les études et le suivi de travaux à
réaliser dans le cadre d'une opération de travaux d'amélioration
thermique et de requalification des espaces extérieurs du groupe
immobilier Meaux Armand Carrel.
la mission confiée au maître d'oeuvre sera constituée d'une mission de
base, étendue aux études de diagnostic, au sens du décret n°93.1268 du
29.11.93 à laquelle pourront être associées quelques missions
complémentaires.
A ce stade de passation, seule la compétence d'un architecte est
requise.
Le candidat peut présenter une candidature unique, avec un ou des sous
traitants, ou sous forme de groupement. Compte tenu de l'objet de la
consultation, le candidat peut s'adjoindre les compétences
complémentaires qu'il juge utile. Ces compétences pourront être sous
traitées ultérieurement à des Bet soumis à l'approbation du maître
d'ouvrage. Leur rémunération sera comprise dans la proposition de
rémunération de l'architecte pour la prestation complète de maîtrise
d'oeuvre. La mission débutera dans le courant du 1er semestre 2016.
Une visite du site et des négociations avec les 4 candidats retenus à
l'issue de la phase de sélection des candidatures seront organisées.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71221000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Le groupe immobilier Meaux Armand Carrel est composé de 8 bâtiments
allant du R+5 au R+10 et comprenant 425 logements.
Les travaux du programme comprennent:
Travaux d'amélioration thermique (amélioration de l'enveloppe, de la
production de chaleur, de la ventilation.Remise en état des parties
communes et amélioration de la sécurité incendie.Remise en état des
ouvrages dégradés, identifiés à l'issue du diagnostic)
Requalification des espaces extérieurs (amélioration de la qualité de
service, amélioration paysagère et amélioration de la sécurité du
site).
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Il existe une option au sens du droit
communautaire, à savoir d'éventuels achat susceptibles d'être effectués
dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en
concurrence.
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Avance: aucune avance ne sera accordée au titulaire.
Retenue de garantie: aucune retenue de garantie ne sera appliquée au
titulaire.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Ressources extérieures publiques (Ville de Paris)et ressources propres.
Virement à 30 jours.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Le justificatif à produire obligatoirement est le
formulaire intitulé « lettre de candidature habilitation du
mandataire par ses cotraitants» Référencé DC1 (dernière version en
vigueur)
le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché
plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat
individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de
membre de plusieurs groupements.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Les justificatifs à produire obligatoirement sont:
1- le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles à indiquer sur le cadre spécifique A3
pour justifier de ses capacités économiques et financières, le candidat
peut demander que soient également prises en compte les capacités
économiques et financières d'autres opérateurs économiques (selon les
modalités précisées dans le règlement de la consultation).
2- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature les références
dans le cadre spécifique A3 transmis dans le dossier de candidature
téléchargeable sur le site AWS.
les références fournies devront permettre de démontrer la capacité du
candidat à:
développer un projet architectural dans un cadre patrimonial et
paysagé
gérer un projet environnemental à l'approche innovante et le recours
aux Enr.
gérer un projet en milieu occupé
les éléments à fournir sont les suivants:
sur un A3,2 références en rapport avec l'objet de la consultation. Le
candidat fera état des moyens humains, du CA et de la composition de
l'équipe.Le candidat peut demander que soient également prises en
compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs
économiques.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives applicables: Architecte inscrit à l'ordre des
architectes.
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre
de certains types de procédures négociées) non
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
Nombre dopérateurs envisagé: 4
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Montant provisoire de la rémunération. Pondération 60
2. Valeur technique de l'offre. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
2015/221
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
23.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt
sur [8]http://marches-publics.parishabitatoph.fr
unité monétaire utilisée, l'euro.Les candidats peuvent retirer
gratuitement le DCE par voie électronique sur le profil acheteur de
Paris Habitat Oph. Un mode d'emploi est à la disposition des
candidats sur le site.
sans nuire au principe de liberté d'accès à la commande publique, il
est demandé aux candidats de communiquer au minimum un numéro de
téléphone ainsi qu'une adresse email valide. Cette exigence a pour
objet d'établir de façon certaine une correspondance électronique avec
le candidat concerné en cas de modification et/ou d'information sur la
procédure.
il est attendu des candidats une réponse par envoi électronique sur le
profil acheteur de Paris Habitat OPH. Le candidat qui choisit de
communiquer sa candidature et son offre par envoi électronique doit
s'identifier.
toutefois, les candidatures et les offres des candidats qui utiliseront
un autre mode de transmission (support papier ou support physique
électronique) ne seront pas pour autant refusées. Les candidats doivent
appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents.
dans le cas d'une transmission sur support papier: les candidats
adresseront leur dossier en un exemplaire (un original) sous pli fermé,
garantissant sa confidentialité, qui mentionnera les coordonnées de
Paris Habitat OPH précisées ci-dessous et les renseignements
suivants: Mosc. ne pas ouvrir. Réf. "aapc": 2015/221 objet: Mosc groupe
immobilier Meaux Armand Carrel à Paris 19ème / Nom du candidat (en cas
de groupement, nom de tous les membres): Les plis seront envoyés sous
pli recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé aux
adresses précitées. 2-Transmission par envoi électronique: les pièces
exigées au titre de la candidature doivent être déposées dans le
fichier de réponse dématérialisé relatif à la candidature avant la date
et l'heure limites de réception des candidatures. A l'appui de l'envoi
électronique de sa candidature, le candidat a la faculté de transmettre
à Paris Habitat OPH, une copie de sauvegarde sur support physique
électronique (clé usb...) ou sur support papier dans les délais
impartis pour la remise des candidatures. 3-Transmission par support
physique électronique (cd-rom...): Les pièces exigées au titre de la
candidature doivent être présentées sur un support de réponse relatif à
la candidature avant la date et l'heure limites de réception. La
transmission se fera sous forme de pli scellé sur lequel figurera,
outre les mentions prévues à celles d'un envoi papier, la mention
"support physique électronique". Le pli devra être remis à Paris
Habitat OPH dans des conditions identiques à la transmission papier.
Dans les cas 2) et 3), les documents sont signés au moyen d'un
certificat de signature électronique, garantissant l'identification du
candidat. Ce certificat doit être conforme au référentiel
intersectoriel de sécurité et référencé sur une liste établie par le
ministre chargé de la réforme de l'État. A défaut les candidatures
transmises seront rejetées. Le certificat doit être détenu par une
personne ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la
présente consultation. Les fichiers transmis ayant pour extension
".exe" ne seront pas acceptés. Les fichiers ayant les extensions
suivantes:".doc", ".xls", ".pdf" sont recommandés. Les fichiers ".zip"
sont acceptés. Les plaquettes déjà fournies au titre d'une précédente
consultation n'ont pas à être intégrées au dossier de candidature.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris
FRANCE
E-mail: [9]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris
FRANCE
E-mail: [10]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.5)Date denvoi du présent avis:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Heizanlage - BE-Wavre
Heizanlage
Dokument Nr...: 24373-2016 (ID: 2016012309131363002)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
BE-Wavre: Heizanlage
2016/S 16/2016 24373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Province du Brabant wallon Parc des Collines bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1 (anciennement Avenue Einstein 2)
1300 Wavre
BELGIEN
Weitere Auskünfte erteilen: Service de gestion des infrastructures et
du Patrimoine Bâtis
Parc de la Noire Epine Avenue Edison 12
Kontaktstelle(n): Monsieur Florent Delarbre
1300 Wavre
BELGIEN
Telefon: +32 10236263
E-Mail: [4]florent.delarbre@brabantwallon.be
Fax: +32 10236281
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Service de gestion des infrastructures et du patrimoine
Bâtis
Parc de la Noire Epine Avenue Edison 12
Kontaktstelle(n): Monsieur Florent Delarbre
1300 Wavre
BELGIEN
Telefon: +32 10236263
E-Mail: [5]florent.delarbre@brabantwallon.be
Fax: +32 10236281
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Voir cahier spécial
des charges
BELGIEN
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45232141
Beschreibung
Heizanlage.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 1.3.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.3.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:florent.delarbre@brabantwallon.be?subject=TED
5. mailto:florent.delarbre@brabantwallon.be?subject=TED
OT: 23/01/2016 S16 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
Belgique-Wavre: Installations de chauffage
2016/S 016-024373
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Province du Brabant wallon Parc des Collines bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1 (anciennement Avenue Einstein 2)
1300 Wavre
BELGIQUE
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Service de gestion des infrastructures et du Patrimoine
Bâtis
Parc de la Noire Epine Avenue Edison 12
Point(s) de contact: Monsieur Florent Delarbre
1300 Wavre
BELGIQUE
Téléphone: +32 10236263
E-mail: [6]florent.delarbre@brabantwallon.be
Fax: +32 10236281
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Service de gestion des infrastructures et du patrimoine Bâtis
Parc de la Noire Epine Avenue Edison 12
Point(s) de contact: Monsieur Florent Delarbre
1300 Wavre
BELGIQUE
Téléphone: +32 10236263
E-mail: [7]florent.delarbre@brabantwallon.be
Fax: +32 10236281
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Voir cahier spécial des charges
BELGIQUE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Maintenance préventive, corrective et évolutive des systèmes HVAC.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: PBW.
Code NUTS BE310
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché a pour objet la maintenance préventive, corrective et
évolutive des Installations HVAC et de purification de l'eau réparties
pour une durée de base de 24 mois dans les 150 bâtiments des sites
provinciaux. Le marché peut être reconduit une fois pour une durée de
deux ans.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232141
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Systèmes HVAC de 150 bâtiments (170 000 m²).
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Conformément à l'article 37 § 2 du
15.6.2006, le marché peut être reconduit une fois pour une durée de
deux ans. Cette reconduction aura lieu de manière implicite sauf
résiliation adressée par recommandé à l'adjudicataire dans les 2 mois
précédent l'échéance du terme.
La non reconduction du marché n'ouvre pas le droit à une quelconque
indemnité en faveur de l'adjudicataire.
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 24 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à
la dizaine supérieure).
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Article 61 de l'arrêté royal du 15.7.2011
Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché,
le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas
d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15.7.2011 relatif
à la passation des marchés dans les secteurs classiques.
L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la
conclusion du marché (soit sa notification), le Pouvoir adjudicateur
invitera l'adjudicataire pressenti à produire un extrait récent du
casier judiciaire.
Le caractère récent de ce document est établi dans la mesure où il date
de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.
L'adjudicataire pressenti dispose au maximum d'un délai de huit jours
calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour
produire le document requis.
L'attention du soumissionnaire est également attirée sur le fait que le
Pouvoir adjudicateur se procurera lui-même, par voie électronique, les
documents suivants:
Pour l'adjudicataire pressenti: une attestation récente du greffe du
tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que
l'adjudicataire pressenti n'est pas en situation de faillite, de
concordat judiciaire ou de liquidation ainsi que l'attestation ONSS
dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matières de
cotisations sociales.
Dans le cas d'un soumissionnaire non-belge, ce dernier fournira un
certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné attestant
que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de
l'article 62§2 de l'arrêté royal du 15.7.2011.
Dans le cas d'un groupement (association momentanée, sociétés civiles,
etc.), le Pouvoir adjudicateur se procurera le document concerné pour
l'ensemble des personnes physiques ou morales constituant ce
groupement.
Document 1A: pour l'ensemble des soumissionnaires = l'attestation dont
il résulte qu'ils sont en ordre en matière de paiement de leurs impôts
et taxes.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Cf. conditions requises en matière d'agréation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Agréation requise: D17
(Chauffage central, installations thermiques), Classe 4.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Cf. conditions requises en matière d'agréation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques),
Classe 4.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier non
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
PBW 15_006
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents: 1.3.2016
Documents payants: oui
Prix: 10 EUR
Modalités de paiement: Cahier spécial des charges
S'il souhaite acquérir les documents de soumission, le soumissionnaire
est invité à verser la somme de 20 EUR TVAC sur le compte IBAN: BE69
0910 1110 1778 code BIC GKCCBEBB de la Province du Brabant wallon, avec
en communication l'objet du marché.
La délivrance des documents de soumission après leur paiement est
effectuée, au choix du soumissionnaire, de l'une des manières
suivantes:
Afin d'accélérer l'envoi postal des documents, le soumissionnaire
faxe la preuve de son paiement à l'agent traitant et attend que ces
documents lui soient envoyés par le pouvoir adjudicateur;
Le soumissionnaire vient chercher les documents auprès de l'agent
traitant après avoir préalablement convenu d'un rendez-vous avec lui et
muni de la preuve de paiement.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
8.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Date: 8.3.2016 - 14:00
Lieu:
Vinci, Avenue Edison 12 à 1300 Wavre
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Visite du site requise:
La visite de deux sites témoins est obligatoire (JOD_TIR, NIV_MALG).
Deux dates de visite sont fixées: la première 7 jours ouvrables après
la publication, la deuxième aura lieu 12 jours ouvrables après la
publication du marché. Chaque date porte sur la visite des 2 sites
témoins. La personne de contact est Monsieur Frédéric Lecomte
(010/23.62.90 ou au 0471/49.87.49).
Si un soumissionnaire souhaite visiter un autre site outre les 2 sites
obligatoires, celui-ci doit prendre contact avec Monsieur Lecomte.
Remarque importante: par la remise de son offre, le soumissionnaire
reconnait l'avoir rédigé en parfaite connaissance, d'une part, de
l'état technique des équipements à entretenir et, d'autre part, de leur
localisation et leurs contraintes en termes d'accessibilité.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen - ES-Barcelona
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
Dokument Nr...: 24473-2016 (ID: 2016012309141963084)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
ES-Barcelona: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
2016/S 16/2016 24473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad
c/ Provença, 204-208
Zu Händen von: Susanna Franquesa
08036 Barcelona
SPANIEN
Telefon: +34 935672800
E-Mail: [4]sfranquesa@gencat.cat
Fax: +34 934881688
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09000000
Beschreibung
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere
Energiequellen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 871 068,66 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
OMS Sacede, S.A.U.
SPANIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:sfranquesa@gencat.cat?subject=TED
5. http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
OT: 23/01/2016 S16 - - Servicios - Anuncio de adjudicación de
contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
España-Barcelona: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía
2016/S 016-024473
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana del Agua del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad
c/ Provença, 204-208
A la atención de: Susanna Franquesa
08036 Barcelona
ESPAÑA
Teléfono: +34 935672800
Correo electrónico: [6]sfranquesa@gencat.cat
Fax: +34 934881688
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador:
[7]http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
I.2)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.3)Principal(es) actividad(es)
Medio ambiente
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Primera prórroga del servicio de explotación, censervación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos en
la estación depuradora de aguas residuales de Montonés del Vallès.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 16: Servicios de alcantarillado y eliminación
de desperdicios; servicios de saneamiento y servicios similares
Código NUTS ES511
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Primera prórroga del servicio de explotación, censervación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos en
la estación depuradora de aguas residuales de Montonés del Vallès.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
09000000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 871 068,66 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
licitación
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE):
Directiva 2004/18/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
Obras/servicios nuevos, que consisten en una repetición de
obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones
estrictas establecidas en la Directiva.
Se trata de una prorroga de contrato.
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
CTN1500923
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
16.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
OMS Sacede, S.A.U.
ESPAÑA
V.4)Información sobre el valor del contrato
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
Se trata de la prórroga de un contrato.
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Órgano Administrativo de Recursos de Catalunya
Via Laietana, 14
08003 Barcelona
ESPAÑA
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
Agencia Catalana del Agua
08006 Barcelona
ESPAÑA
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Projektaufsicht und Dokumentation - PL-Siemianowice lskie
Projektaufsicht und Dokumentation
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Dokument Nr...: 24573-2016 (ID: 2016012309151463189)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
PL-Siemianowice lskie: Projektaufsicht und Dokumentation
2016/S 16/2016 24573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Siemianowice lskie
ul. Jana Pawa II nr 10
Zu Händen von: Alojzy Grzesiek
41-100 Siemianowice lskie
POLEN
Telefon: +48 32766-00-00
E-Mail: [4]trk@mpgkim.com.pl
Fax: +48 32766-01-04
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.um.siemianowice.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71248000, 71240000
Beschreibung
Projektaufsicht und Dokumentation.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
planungsbezogene Leistungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Niedrigstes Angebot 66 850 und höchstes Angebot 157 440 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:trk@mpgkim.com.pl?subject=TED
5. http://www.um.siemianowice.pl/
OT: 23/01/2016 S16 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Siemianowice lskie: Nadzór nad projektem i dokumentacj
2016/S 016-024573
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Siemianowice lskie
ul. Jana Pawa II nr 10
Osoba do kontaktów: Alojzy Grzesiek
41-100 Siemianowice lskie
POLSKA
Tel.: +48 32766-00-00
E-mail: [6]trk@mpgkim.com.pl
Faks: +48 32766-01-04
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.um.siemianowice.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: tak
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spóka
z o.o.
41-100 Siemianowice lskie
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu Poprawa
efektywnoci energetycznej w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice
lskie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
technicznych; usugi bada i analiz technicznych
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Siemianowice lskie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dokumentacji
projektowej dla projektu pn. Poprawa efektywnoci energetycznej w
budynkach bdcych wasnoci Gminy Siemianowice lskie
2. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia okrela Dodatek nr 8 do SIWZ
3. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszego zamówienia
powinna posiada uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa
na dzie przekazania Prowadzcemu postpowanie przedmiotu umowy, w
zakresie niezbdnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego
4. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami okrelonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej,
obowizujcymi przepisami i normami a w szczególnoci z zachowaniem
Polskich Norm, przenoszcych normy europejskie lub normy innych pastw
czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszcych te
normy.
5.Prowadzcy postpowanie informuje, e zamierza wspófinansowa ze
rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na
lata 2014-2020.
6.Prowadzcy postpowanie zastrzega sobie moliwo uniewanienia
niniejszego postpowania, jeeli rodki pochodzce z budetu Unii
Europejskiej, które Prowadzcy postpowanie zamierza przeznaczy na
sfinansowanie caoci lub czci zamówienia, nie zostan mu przyznane.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
71248000, 71240000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Najnisza oferta 66 850 i najwysza oferta 157 440 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 80
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
ZP-MPGKiM/22/XII/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2014/S 238-419151 z dnia 10.12.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
20.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Signalgeneratoren - CZ-Ostrava
Signalgeneratoren
Sender-Empfänger
Datendienste
Dokument Nr...: 24673-2016 (ID: 2016012309160963293)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
CZ-Ostrava: Signalgeneratoren
2016/S 16/2016 24673
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
45193673
Nádraní 28/3114
Kontaktstelle(n): vermova 1269, Ostrava-Mariánské Hory
Zu Händen von: Ing. Grill Ivo
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 597475541
E-Mail: [4]grill.ivo@ovak.cz
Fax: +420 597475526
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]https://www.ovak.cz
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
Weitere Auskünfte erteilen: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
45193673
Nádraní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
Kontaktstelle(n): vermova 1269, Ostrava-Mar.Hory
Zu Händen von: Ing. Peter Ostrák
729 71 Ostrava
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 602267442
E-Mail: [7]ostrak.peter@ovak.cz
Fax: +420 597475515
Internet-Adresse: [8]https://www.ovak.cz
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Ostravské vodárny a
kanalizace a.s.
Nádraní 28/3114
Kontaktstelle(n): podatelna spolenosti
Zu Händen von: paní Fojtíková
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 597475106
E-Mail: [9]grill.ivo@ovak.cz
Fax: +420 596118217
Internet-Adresse: [10]https://www.ovak.cz
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34999100, 31711110, 72300000
Beschreibung
Signalgeneratoren.
Sender-Empfänger.
Datendienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
14.3.2016 - 12:30
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Tschechisch.
References
4. mailto:grill.ivo@ovak.cz?subject=TED
5. https://www.ovak.cz/
6. https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
7. mailto:ostrak.peter@ovak.cz?subject=TED
8. https://www.ovak.cz/
9. mailto:grill.ivo@ovak.cz?subject=TED
10. https://www.ovak.cz/
OT: 23/01/2016 S16 - - Dodávky - Oznámení zadávacího ízení -
Otevené ízení
eská republika-Ostrava: Mící vysílae
2016/S 016-024673
Oznámení o zakázce veejné sluby
Dodávky
Smrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
45193673
Nádraní 28/3114
Kontaktní místo: vermova 1269, Ostrava-Mariánské Hory
K rukám: Ing. Grill Ivo
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597475541
E-mail: [6]grill.ivo@ovak.cz
Fax: +420 597475526
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: [7]https://www.ovak.cz
Adresa profilu kupujícího:
[8]https://profily-zadavatelu.cz/profil/45193673
Dalí informace lze získat: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
45193673
Nádraní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
Kontaktní místo: vermova 1269, Ostrava-Mar.Hory
K rukám: Ing. Peter Ostrák
729 71 Ostrava
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 602267442
E-mail: [9]ostrak.peter@ovak.cz
Fax: +420 597475515
Internetová adresa: [10]https://www.ovak.cz
Zadávací dokumentaci a dalí dokumenty (vetn dokument k dynamickému
nákupnímu systému) lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány: Ostravské vodárny a
kanalizace a.s.
Nádraní 28/3114
Kontaktní místo: podatelna spolenosti
K rukám: paní Fojtíková
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597475106
E-mail: [11]grill.ivo@ovak.cz
Fax: +420 596118217
Internetová adresa: [12]https://www.ovak.cz
I.2)Hlavní pedmt innosti
Vodohospodáství
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatel
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce zadavatelem:
Dálkové odety.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Dodávky
Koup
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.1.3)Informace o veejné zakázce, rámcové smlouv nebo dynamickém
nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouv
II.1.5)Struný popis zakázky nebo nákupu():
Pedmtem plnní veejné zakázky je dodávka vysíla a pijíma pro
zajitní rádiového dálkového odetu vodomr v rámci zadavatelem
provozovaného území, vetn jejich písluenství a doklad, které se k
nim vztahují a poskytování slueb spoívajících ve sbru, zpracovávání,
vyhodnocování, evidenci a pedávání dat spojených s dálkovými odety
vodomr pro zadavatele, a to po dobu od 1.5.2016 (pípadn od data
uzavení smlouvy, dojde-li k nmu pozdji) a do 31.12.2024.
II.1.6)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
34999100, 31711110, 72300000
II.1.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Informace o ástech zakázky
Rozdlení zakázky na ásti: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou pijímány varianty: ne
II.2)Mnoství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové mnoství nebo rozsah:
Uvete odhadovanou hodnotu bez DPH: 25 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení
Zahájení 1.5.2016 Dokonení 31.12.2024
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Poadované zálohy a záruky:
Zadavatel poaduje, aby uchaze k zajitní svých povinností
vyplývajících z úasti v zadávacím ízení poskytl jistotu ve smyslu §
67 zákona. Výe jistoty je stanovena na ástku 500 000 CZK.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatel, jim bude
zakázka zadána:
III.1.4)Dalí zvlátní podmínky:
Plnní zakázky podléhá zvlátním podmínkám: ne
III.2)Podmínky úasti
III.2.1)Profesní kvalifikaní pedpoklady dodavatel, vetn poadavk
týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Profesní kvalifikaní pedpoklady dle § 54 písm. a) zákona o veejných
zakázkách . 136/2007 Sb. v platném znní. Uchaze pedloí výpis z
obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
III.2.2)Ekonomická a finanní zpsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Ekonomická a finanní zpsobilost splnit veejnou zakázku dle § 50
odst. 1 písm. c) zákona uchaze pedloí estné prohláení o své
ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku.
III.2.3)Technická zpsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Seznam min. 1 významné dodávky realizovaných uchazeem s uvedením
jejich rozsahu a doby plnní zpsobem dle § 56 odst. 1 písmeno a)
zákona, s limitem pro splnní kvalifikace:
A) nejmén 1 obdobná zakázka, splnná v posledních 3 letech, týkající
se dálkového odetu mitel energií, jejím pedmtem byla dodávka min
celkem 5 000 ks vysíla a min 20 ks pijíma a správa penesených dat
sbíraných z min 5 000 ks vysíla po dobu alespo 1 roku; nebo alespo
B) 1 obdobná zakázka, splnná v posledních 3 letech, týkající se
dálkového odetu midel energií, jejím pedmtem byla dodávka min
celkem 5 000 ks vysíla a 20 ks pijíma, a souasn alespo obdobná
zakázka, splnná v posledních 3 letech, jejím pedmtem byla správa
penesených dat sbíraných z min 5 000 ks vysíla po dobu alespo 1
roku.
Existence funkní sluby on-line pístupu do informaního systému
uchazee pro správu dat a datového uloit (sluby) s dostupností 7x
24 hod. v týdnu. A dále dle zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na sluby
III.3.1)Informace o vyhrazení urité profesi
III.3.2)Zamstnanci odpovdní za provedení sluby
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnií nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Bude pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené zadavatelem:
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalích dokument (s
výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast
14.3.2016 - 12:30
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo ádosti o
úast vypracovány
etina.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhty pro podání nabídek)
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14.3.2016 - 12:40
Osoby, které jsou oprávnny být pítomny pi otevírání nabídek: ano
lenové komise, zástupci zadavatele a oprávnní zástupci uchazee.
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.3)Dalí informace:
Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 5 zákona vyhrazuje právo zruit
zadávací ízení, a to nejpozdji do uzavení smlouvy na veejnou
zakázku.
VI.4)Odvolací ízení
VI.4.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [13]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [14]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)Podání odvolání
Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
napadá. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné
doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte - FR-Aix-en-Provence
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Reproduktionsgeräte
Reparatur von Fotokopiergeräten
Fotokopierer
Wartung von Fotokopiergeräten
Wartung und Reparatur von Büromaschinen
Dokument Nr...: 2473-2016 (ID: 2016010609044139847)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
FR-Aix-en-Provence: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
2016/S 3/2016 2473
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
Zu Händen von: Abraham Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
FRANKREICH
Telefon: +33 442667768
E-Mail: [4]guy.abraham@canal-de-provence.com
Weitere Auskünfte erteilen: Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
Zu Händen von: Sabatier Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Telefon: +33 442667115
E-Mail: [5]bernard.sabatier@canal-de-provence.com
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
Zu Händen von: Dallard Guillaume
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Telefon: +33 442666763
E-Mail: [6]guillaume.dallard@canal-de-provence.com
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Société du Canal de
Provence
CS 70064 Le Tholonet
Zu Händen von: Abraham Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Telefon: +33 442666768
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30120000, 30121300, 50313100, 30121100, 50313200
Beschreibung
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte.
Reproduktionsgeräte.
Reparatur von Fotokopiergeräten.
Fotokopierer.
Wartung von Fotokopiergeräten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
25.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:guy.abraham@canal-de-provence.com?subject=TED
5. mailto:bernard.sabatier@canal-de-provence.com?subject=TED
6. mailto:guillaume.dallard@canal-de-provence.com?subject=TED
OT: 06/01/2016 S3 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Aix-en-Provence: Photocopieurs et matériel d'impression offset
2016/S 003-002473
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
À l'attention de: Abraham Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
FRANCE
Téléphone: +33 442667768
E-mail: [6]guy.abraham@canal-de-provence.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
À l'attention de: Sabatier Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Téléphone: +33 442667115
E-mail: [7]bernard.sabatier@canal-de-provence.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
À l'attention de: Dallard Guillaume
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Téléphone: +33 442666763
E-mail: [8]guillaume.dallard@canal-de-provence.com
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Société du Canal de Provence
CS 70064 Le Tholonet
À l'attention de: Abraham Guy-Noël
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
Téléphone: +33 442666768
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Autre: Service d'aménagements hydrauliques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Location de photocopieurs multifonctions
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Location
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Périmètre de la société du Canal de
Provence.
Code NUTS FR82
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Déploiement d'un parc de photocopieurs numériques multifonctions pour
les besoins des services de la société du Canal de Provence.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30120000, 30121300, 50313100, 30121100, 50313200
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
50 photocopieurs couleur/noir et blanc (multifonctions),
2 photocopieurs professionnels (couleur et noir et blanc).
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Copieurs multifonctions
1)Description succincte
Ensemble de copieurs multifonctions couleur ou noir & blanc.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30120000, 30121300, 50310000, 50313200
3)Quantité ou étendue
50.
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2 Intitulé: Copieurs professionnels de reprographie
1)Description succincte
Copieurs professionnels de reprographie pour l'atelier du siège du
Tholonet.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30120000
3)Quantité ou étendue
2.
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Pas de cautionnement ou de retenue de garantie.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Financement sur fonds propres.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Groupement solidaire.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: DC1 et DC2.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
référence(s) de services similaires de déploiement de parcs de
photocopieurs de taille comparable,
liste des moyens techniques: déclaration précisant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature,
description technique des moyens et mesures employées,
certificat(s) de qualifications professionnelles.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Prix. Pondération 70
2. Valeur technique. Pondération 30
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
DCE 2175
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
25.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal de grande instance
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290
VI.5)Date denvoi du présent avis:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Öffentlicher Verkehr (Straße) - DE-Potsdam
Öffentlicher Verkehr (Straße)
Dokument Nr...: 24773-2016 (ID: 2016012309172463390)
Veröffentlicht: 23.01.2016
*
DE-Potsdam: Öffentlicher Verkehr (Straße)
2016/S 16/2016 24773
Bekanntmachung eines Prüfungssystems Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb ja
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Brandenburg (Süd): Öffentlicher Nahverkehr (Straße)
Babelsberger Str. 16
Kontaktstelle(n): DB Regio Bus Ost GmbH, Bayern Express & P. Kühn
Berlin GmbH
Zu Händen von: Matthias Scholz, Christian Burisch
14473 Potsdam
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 0331-235-6952 / +49 0331-235-6955
E-Mail: [6]vergabestelle-dro@deutschebahn.com
Fax: +49 069-265-36236
Weitere Auskünfte erteilen die oben genannten Kontaktstellen
Weitere Unterlagen verschicken die oben genannten Kontaktstellen
Teilnahmeanträge oder Bewerbungen sind zu richten an die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Gegenstand des Prüfungssystems
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Subunternehmerleistungen im Busverkehr.
II.2)Art des Auftrags
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 2: Landverkehr [2], einschließlich
Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr
II.3)Beschreibung der Bauleistungen, Dienstleistungen oder Waren, die
durch ein Prüfungssystem beschafft werden sollen:
Busverkehrsleistungen als Subunternehmerleistungen im südlichen Teil
des Bundeslandes Brandenburg:
Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, kreisfreie
Stadt Cottbus.
II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60112000
II.5)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Qualifizierung für das System:
Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre
Qualifikation erfüllen müssen: Der Bewerber muss mit seinem Antrag
erklären, für welche unter der Ziffer II.3) genannten Regionen er sich
qualifizieren möchte. Der Bewerber muss darüber hinaus mit seinem
Antrag folgende Unterlagen einreichen:
1) Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate);
im Falle der gesetzlich zulässigen Nichteintragung muss die Anmeldung
des Gewerbes nachgewiesen werden.
2) Eigenerklärung des Bewerbers, dass zum Zeitpunkt des Antrags über
das Vermögen des Bewerbers weder ein Insolvenzverfahren noch ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet wurde oder ein Antrag
auf ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde;
der Bewerber sich nicht in Liquidation befindet;
im Gewerbezentralregisterauszug kein Eintragungen bestehen, die gegen
die Zuverlässigkeit des Bewerberssprechen;
der Bewerber nicht gegen seine gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von
Steuern, Beiträgen zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken und
Arbeitslosenversicherung) sowie zur Berufsgenossenschaft verstößt;
weder der Bewerber noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen
zuzurechnen ist, wegen Verstoßes gegen eine der folgenden Vorschriften
oder vergleichbaren Straftatbestände anderer Staatenrechtskräftig
verurteilt worden ist:
a) §§ 129, 129a oder 129b des Strafgesetzbuchs,
b) §§ 333 oder 334 des Strafgesetzbuchs, auch in Verbindung mit Artikel
2 § 1 des EU-Bestechungsgesetzesvom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II
S. 2340), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 21.Juli
2004 (BGBl. I S. 1763) geändert worden ist, Artikel 2 § 1 des Gesetzes
zur Bekämpfung InternationalerBestechung vom 10. September 1998 (BGBl.
1998 II S. 2327; 1999 II S. 87), § 1 Absatz 2 Nummer 10 des
NATO-Truppen-Schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
März 2008 (BGBl. I S. 490), § 2des Gesetzes über das Ruhen der
Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und
Bedienstetendes Internationalen Strafgerichtshofes vom 21. Juni 2002
(BGBl. I S. 2144, 2162),
c) § 299 des Strafgesetzbuches,
d) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler
Bestechung,
e) § 108e des Strafgesetzbuches,
f) § 264 des Strafgesetzbuches,
g) § 261 des Strafgesetzbuches;
3.) Name und berufliche Qualifikation des Verkehrsleiters nach Art. 4
VO (EG) 1071/2009;
4). Erklärung des Bewerbers über Referenzen über vom Bewerber in den
letzten 3 Jahren erbrachte Verkehre im ÖPNV.
Der Auftraggeber behält sich vor, bedarfsgerechte Wirtschaftsauskünfte
einzuholen und bei der späterenVergabe von Aufträgen zusätzliche bzw.
weitergehende Anforderungen aufzustellen.
III.1.2)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt V: Verfahren
IV.1)Zuschlagskriterien
IV.1.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgeführt sind
IV.1.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
IV.2.2)Dauer der Gültigkeit des Prüfungssystems
Unbestimmte Dauer
IV.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Das Prüfungssystem wird verlängert: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
52123 Bonn
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach
Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 114 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe
der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach
Absendung der Vergabeentscheidung per Post (§ 101a GWB).
Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass
die geltend gemachten Vergabeverstöße unverzüglich nach Kenntnis bzw.
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen erkennbar sind bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw.
Angebotsfrist gerügt wurden (§ 107 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1-3 GWB).
Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4
GWB). Des Weiteren wird auf die in § 101 b Abs. 2 GWB genannten Fristen
verwiesen.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
52123 Bonn
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19.1.2016
References
6. mailto:vergabestelle-dro@deutschebahn.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Derby: - UK-Derby
Verpflegungsdienste für Schulen
Dokument Nr...: 24873-2016 (ID: 2016012609014863676)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
UK-Derby:
2016/S 17/2016 24873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Beaufort Primary School
Hampshire Road
Derby
DE21 6BT
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Kontaktstelle(n): The Litmus Partnership Ltd
Telefon: +44 1276-673880
E-Mail: [6]pqq@litmuspartnership.co.uk
NUTS-Code: UKF11
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.beaufort.derby.sch.uk
I.1)Name und Adressen
Derwent Community School
St Mark's Road
Derby
DE21 6AL
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Kontaktstelle(n): The Litmus Partnership Ltd
Telefon: +44 1276-673880
E-Mail: [8]pqq@litmuspartnership.co.uk
NUTS-Code: UKF11
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [9]http://derwent.derby.sch.uk/
I.2)Gemeinsame Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[10]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
t_community_schools
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55524000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The successful tenderer will be required to provide catering services
at Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
The catering contract being offered will commence on Monday, 31.10.2016
for an initial period of 3 years, concluding on Friday, 1.11.2019, and
will be offered on a guaranteed performance basis, with a service on
each of the 190 full academic days.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKF11
Hauptort der Ausführung:
Beaufort Primary School and Derwent Community School, Derby, United
Kingdom.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Both schools are currently served by the same catering contractor.
School dinners offer a nutritionally balanced menu and include a salad
bar. The latest menu is on a 3-weekly cycle and includes a roast dinner
twice a week. Children are offered milk every lunchtime. We have been
awarded the Healthy Schools Award and participate in the Free Fruit for
Schools Scheme. Children in the Foundation Stage and Key Stage 1 are
encouraged to have a piece of fruit each day. Other children may
purchase a healthy snack at playtime or bring a piece of fruit or
cereal bar to eat during playtime. All children have access to drinking
water each day. Cold water dispensers are provided in school and
bottles may be purchased from the office or brought in from home.
The schools are located within 0,6 miles of each other.
The successful contractor is expected to have a strong local presence,
as specialist caterers in the Primary School sector.
The contract covers the scope for the provision of catering services
within the schools, which currently includes lunch, all hospitality and
free issue requirements. Free school meals and hospitality will be
charged based on consumption. Each school currently manages its own
breakfast club and intends to continue to do so. Neither school has a
morning break.
The schools expect the successful contractor to enable the continued
development of catering through the provision of an innovative, healthy
food service, prepared on-site, in the well-designed and equipped
kitchens.
Both schools intend to focus heavily on healthy, fresh, seasonal,
locally sourced produce and see the catering service as an exciting
opportunity to complement the overall uptake, student and parent
experience, through the regular introduction of new ingredients, themed
and promotional events. The successful contractor will be required to
play their part in acting as a catalyst for improvement of the pupil
experience.
The Senior Leadership Team and Governors have identified improved
Value for Money as a priority to parents and this is perceived as key
to encourage an increased uptake of the overall catering service
provided. The successful contractor will work closely with the schools
to manage the provision of catering and the overall meal experience,
with pupil education on making healthy dietary choices being an
important part of their educational experience.
The vision of Senior Leadership and Governors at both schools is that
all children choose to eat and enjoy a healthy school dinner with 100 %
uptake of free school meals. Good quality and varied menu options plus
value for money are perceived as key to encourage an increased uptake
of the overall catering service provided. The successful contractor
will work closely with the schools to manage the provision of catering
and the overall meal experience, with pupil education on making
healthy dietary choices being an important part of their educational.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 180 000.00 GBP
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31/10/2016
Ende: 01/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 5
Höchstzahl: 10
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken
forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers
meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards
will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers
meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will
proceed to the tender stage.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/03/2016
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 08/04/2016
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Interest in the pre-qualification process should be expressed via email
only to [11]pqq@litmuspartnership.co.uk clearly stating within this
email which contract / notice you are referring to. Please also
provide, as a minimum, a contact name, full company postal address and
telephone number.
The pre-qualification questionnaire and associated documents can be
obtained at:
[12]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
t_community_schools
The closing date for receipt of the Pre-Qualification Questionnaire is
11.3.2016 (12:00). Tenderers are required to ensure that documents are
obtained and returned to The Litmus Partnership Limited, by email to
[13]pqq@litmuspartnership.co.uk by the above closing date and time.
Documents in respect of economic / financial standing (where indicated
in the Pre-Qualification Questionnaire) shall be returned to The Litmus
Partnership Limited, by email to [14]pqq@litmuspartnership.co.uk by the
above closing date and time.
It will be the Tenderer's responsibility to obtain any necessary
documents in order to submit a response by the closing date and time.
The contracting authority reserves the right not to award any or part
of the contract which is the subject of this OJEU notice and reserves
the right to terminate the procurement process at any time.
The contracting authority will not be liable for any costs incurred by
those expressing an interest in tendering for this contract
opportunity.
The contracting authority will consider variant bids, evaluating them
(so far as the variant or the evaluation of the variant is in the
opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as
a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in
preference to a conforming bid even if the variant bid scores more
highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously
submits a conforming bid.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Beaufort Primary and Derwent Community Schools
Derby
VEREINIGTES KÖNIGREICH
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/01/2016
References
6. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
7. http://www.beaufort.derby.sch.uk/
8. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
9. http://derwent.derby.sch.uk/
10. http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwent_community_schools
11. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
12. http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwent_community_schools
13. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
14. mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk?subject=TED
OT: 26/01/2016 S17 - - Services - Contract notice - Restricted
procedure
United Kingdom-Derby: School catering services
2016/S 017-024873
Contract notice
Services
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)Name and addresses
Beaufort Primary School
Hampshire Road
Derby
DE21 6BT
UNITED KINGDOM
Contact person: The Litmus Partnership Ltd
Telephone: +44 1276-673880
E-mail: [6]pqq@litmuspartnership.co.uk
NUTS code: UKF11
Internet address(es):
Main address: [7]http://www.beaufort.derby.sch.uk
I.1)Name and addresses
Derwent Community School
St Mark's Road
Derby
DE21 6AL
UNITED KINGDOM
Contact person: The Litmus Partnership Ltd
Telephone: +44 1276-673880
E-mail: [8]pqq@litmuspartnership.co.uk
NUTS code: UKF11
Internet address(es):
Main address: [9]http://derwent.derby.sch.uk/
I.2)Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge, at:
[10]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
t_community_schools
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the
abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
II.1.2)Main CPV code
55524000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:
The successful tenderer will be required to provide catering services
at Beaufort Primary and Derwent Community Schools.
The catering contract being offered will commence on Monday, 31.10.2016
for an initial period of 3 years, concluding on Friday, 1.11.2019, and
will be offered on a guaranteed performance basis, with a service on
each of the 190 full academic days.
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKF11
Main site or place of performance:
Beaufort Primary School and Derwent Community School, Derby, United
Kingdom.
II.2.4)Description of the procurement:
Both schools are currently served by the same catering contractor.
School dinners offer a nutritionally balanced menu and include a salad
bar. The latest menu is on a 3-weekly cycle and includes a roast dinner
twice a week. Children are offered milk every lunchtime. We have been
awarded the Healthy Schools Award and participate in the Free Fruit for
Schools Scheme. Children in the Foundation Stage and Key Stage 1 are
encouraged to have a piece of fruit each day. Other children may
purchase a healthy snack at playtime or bring a piece of fruit or
cereal bar to eat during playtime. All children have access to drinking
water each day. Cold water dispensers are provided in school and
bottles may be purchased from the office or brought in from home.
The schools are located within 0,6 miles of each other.
The successful contractor is expected to have a strong local presence,
as specialist caterers in the Primary School sector.
The contract covers the scope for the provision of catering services
within the schools, which currently includes lunch, all hospitality and
free issue requirements. Free school meals and hospitality will be
charged based on consumption. Each school currently manages its own
breakfast club and intends to continue to do so. Neither school has a
morning break.
The schools expect the successful contractor to enable the continued
development of catering through the provision of an innovative, healthy
food service, prepared on-site, in the well-designed and equipped
kitchens.
Both schools intend to focus heavily on healthy, fresh, seasonal,
locally sourced produce and see the catering service as an exciting
opportunity to complement the overall uptake, student and parent
experience, through the regular introduction of new ingredients, themed
and promotional events. The successful contractor will be required to
play their part in acting as a catalyst for improvement of the pupil
experience.
The Senior Leadership Team and Governors have identified improved
Value for Money as a priority to parents and this is perceived as key
to encourage an increased uptake of the overall catering service
provided. The successful contractor will work closely with the schools
to manage the provision of catering and the overall meal experience,
with pupil education on making healthy dietary choices being an
important part of their educational experience.
The vision of Senior Leadership and Governors at both schools is that
all children choose to eat and enjoy a healthy school dinner with 100 %
uptake of free school meals. Good quality and varied menu options plus
value for money are perceived as key to encourage an increased uptake
of the overall catering service provided. The successful contractor
will work closely with the schools to manage the provision of catering
and the overall meal experience, with pupil education on making
healthy dietary choices being an important part of their educational.
II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only
in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 GBP
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic
purchasing system
Start: 31/10/2016
End: 01/11/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be
invited
Envisaged minimum number: 5
Maximum number: 10
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken
forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers
meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards
will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers
meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will
proceed to the tender stage.
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the
contract
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or
tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/03/2016
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to
participate to selected candidates
Date: 08/04/2016
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be
submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
Interest in the pre-qualification process should be expressed via email
only to [11]pqq@litmuspartnership.co.uk clearly stating within this
email which contract / notice you are referring to. Please also
provide, as a minimum, a contact name, full company postal address and
telephone number.
The pre-qualification questionnaire and associated documents can be
obtained at:
[12]http://www.litmuspartnership.co.uk/project/beaufort_primary__derwen
t_community_schools
The closing date for receipt of the Pre-Qualification Questionnaire is
11.3.2016 (12:00). Tenderers are required to ensure that documents are
obtained and returned to The Litmus Partnership Limited, by email to
[13]pqq@litmuspartnership.co.uk by the above closing date and time.
Documents in respect of economic / financial standing (where indicated
in the Pre-Qualification Questionnaire) shall be returned to The Litmus
Partnership Limited, by email to [14]pqq@litmuspartnership.co.uk by the
above closing date and time.
It will be the Tenderer's responsibility to obtain any necessary
documents in order to submit a response by the closing date and time.
The contracting authority reserves the right not to award any or part
of the contract which is the subject of this OJEU notice and reserves
the right to terminate the procurement process at any time.
The contracting authority will not be liable for any costs incurred by
those expressing an interest in tendering for this contract
opportunity.
The contracting authority will consider variant bids, evaluating them
(so far as the variant or the evaluation of the variant is in the
opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as
a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in
preference to a conforming bid even if the variant bid scores more
highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously
submits a conforming bid.
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Beaufort Primary and Derwent Community Schools
Derby
UNITED KINGDOM
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be
obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Kindergärten - SE-Göteborg
Bauarbeiten für Kindergärten
Bauleistungen im Hochbau
Oberbauarbeiten
Installation von elektrischen Leitungen
Installation von Aufzügen
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Baufertigstellung
Installation von Lenk- und Steuersystemen
Dokument Nr...: 24973-2016 (ID: 2016012609025363775)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
SE-Göteborg: Bauarbeiten für Kindergärten
2016/S 17/2016 24973
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
Box 5163
Zu Händen von: Lennart Forsberg
SE-402 26 Göteborg
SCHWEDEN
E-Mail: [4]lennart.forsberg@lf.goteborg.se
Weitere Auskünfte erteilen: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [5]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [6]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: TendSign
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45214100, 45210000, 45236000, 45310000, 45313100, 45330000, 45331000,
45400000, 51900000
Beschreibung
Bauarbeiten für Kindergärten.
Bauleistungen im Hochbau.
Oberbauarbeiten.
Installation von elektrischen Leitungen.
Installation von Aufzügen.
Installateurarbeiten.
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
Baufertigstellung.
Installation von Lenk- und Steuersystemen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:lennart.forsberg@lf.goteborg.se?subject=TED
5. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
6. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
7. https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
OT: 26/01/2016 S17 - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling
- Öppet förfarande
Sverige-Göteborg: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
2016/S 017-024973
Meddelande om upphandling
Byggentreprenader
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
Box 5163
Att: Lennart Forsberg
SE-402 26 Göteborg
SVERIGE
E-post: [6]lennart.forsberg@lf.goteborg.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [7]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [8]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
SVERIGE
Internetadress: [9]https://tendsign.com/doc.aspx?ID=94017&Goto=Tender
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Nolehultsvägens förskola.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Byggentreprenader
Genomförande, oavsett form, som tillgodoser de krav som de upphandlande
myndigheterna specificerat
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Göteborg.
NUTS-kod SE232
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Nybyggnation av 8 avdelningars förskola i 2 plan.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45214100, 45210000, 45236000, 45310000, 45313100, 45330000, 45331000,
45400000, 51900000
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
16/7
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
1.3.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 1.6.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 2.3.2016 - 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=ubtwcszt
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - FR-Paris
Bauarbeiten
Innenausstattungsgegenstände
Mauerwerksarbeiten
Quadersteinarbeiten
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Elektroinstallationsarbeiten
Installation von Brandmeldeanlagen
Installation von Hebe- und Fördervorrichtungen, außer Aufzügen und Rolltreppen
Dokument Nr...: 25073-2016 (ID: 2016012609042763873)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
FR-Paris: Bauarbeiten
2016/S 17/2016 25073
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
OPPIC
30 rue du Château des Rentiers, CS 61336
Zu Händen von: Mme la présidente de l'OPPIC
75647 Paris Cedex 13
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.oppic.fr
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.marches-publics.gouv.fr
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000 - IA27, 44115800
Beschreibung
Bauarbeiten.
Innenausstattungsgegenstände.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. http://www.oppic.fr/
5. http://www.marches-publics.gouv.fr/
OT: 26/01/2016 S17 - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Paris: Travaux de construction
2016/S 017-025073
Avis de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
OPPIC
30 rue du Château des Rentiers, CS 61336
À l'attention de: Mme la présidente de l'OPPIC
75647 Paris Cedex 13
FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [6]http://www.oppic.fr
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Loisirs, culture et religion
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles
Château de Versailles, RP 834
78008 Versailles Cedex
FRANCE
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Château de Versailles réalisation d'un ensemble de production de
froid associé à la réhabilitation du Château d'eau.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Rue Robert de Cotte, 78000 Versailles.
Code NUTS FR103
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La présente procédure est passée selon les articles 57 à 59 du code des
marchés publics.
Le programme des travaux est décomposé en 2 tranches/phases:
tranche ferme (phase 1): Mise en place d'une production centralisée
de froid reprise des couvertures et restauration de la façade Nord du
Château d'eau
tranche conditionnelle (Phase 2): Réaménagement intérieur et
restauration des façades Sud, Est, et Ouest du Château d'eau.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000 - IA27, 44115800
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Le programme des travaux est décomposé en 2 tranches/phases:
tranche ferme (phase 1): Mise en place d'une production centralisée
de froid reprise des couvertures et restauration de la façade Nord du
Château d'eau
tranche conditionnelle (Phase 2): Réaménagement intérieur et
restauration des façades Sud, Est, et Ouest du Château d'eau
la description et le contenu exact des tranches seront précisés dans
les pièces du dossier de consultations des entreprises.
ces travaux sont décomposés en 8 lots séparés:
102.1 génie Civil / Gros-Oeuvre / Aménagement
102.2 maçonnerie / Pierre de taille / Plâtrerie
200 charpente bois
204 menuiseries extérieures / Serrurerie
224 couverture
300 cvc / Plomberie
305 electricité Courants Forts et Faibles
307 monte Charges
Les lots 102.1, 102.2, 300, 305 et 307 font l'objet du présent appel
d'offres ouvert (Aoo).
Les lots 200, 204 et 224 font l'objet d'une procédure adaptée (Mapa),
distinct et concomitant.
le délai global d'exécution de la tranche ferme est de 12 mois (avec
une période de préparation d'un mois). Ce délai court à compter de la
notification de l'os prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot
102.1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant
celui de la tranche conditionnelle est de 15 mois (avec une période de
préparation d'un mois), à compter de la décision d'affermissement qui
interviendra, le cas échéant, dans les conditions précisées au Ccap.
Une option, dont le chiffrage est obligatoire, est prévue au lot no300
(CVC plomberie):
Option 1: Modification de la position des refroidisseurs en toiture
technique
cette option est décrite dans le CCTP du lot no300.
Son chiffrage est obligatoire sous peine de rejet de l'offre.
Le choix de retenir l'option s'effectuera au moment de l'analyse des
offres. Celle-Ci sera, le cas échéant, intégrées au marché avant sa
notification.
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 27 (à compter de la date dattribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 102 Intitulé: 1 Génie Civil / Gros-Oeuvre / Aménagement
1)Description succincte
Macro-Lot prenant en charge:
les installations communes de chantier;
les échafaudages de pied et le parapluie;
les ouvrages de VRD;
les ouvrages structurels de béton armé;
les ouvrages d'étanchéité de la terrasse technique;
les ouvrages de maçonnerie courante;
les ouvrages de charpente métallique;
les cloisonnements / doublages / faux-plafonds;
les revêtements de sols et murs;
les ouvrages de menuiserie intérieure contemporaine / agencement;
les ouvrages de peinture intérieure;
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000, 44115800
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 102 Intitulé: 2 maçonnerie / pierre de taille / plâtrerie
1)Description succincte
Prenant en charge:
la restauration des parements intérieurs en pierre de taille;
la restauration des parements intérieurs en moellons;
la restauration des enduits plâtre intérieurs;
la restauration des façades extérieures;
les travaux d'accompagnement du lot 102.1 pour la finition des
percements dans l'aile des Ministres Nord et dans les galeries du
Château d'eau;
tous les ouvrages de percements dans les parements existants du
Château d'eau;
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262522, 45262512
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 300 Intitulé: Cvc / plomberie
1)Description succincte
la mise en oeuvre des groupes froids au sein du pôle énergétique du
Grand Commun;
l'installation de tours de refroidissement et d'une paroi acoustique
sur la terrasse technique du château d'eau;
le raccordement de liaison entre ces deux installations, y compris
pompes du circuit de refroidissement, des échangeurs etc;
les installations de traitement d'eau, de maintien de pression,
d'appoint d'eau glycolée etc;
les installations de ventilation des ateliers du service des
Fontaines;
les installations de chauffage des ateliers du service des Fontaines
et le raccordement à la production de chaleur de la sous-station de
chauffage de la cour de l'opéra;
l'évacuation et la récupération des eaux pluviales de la terrasse
techniques jusqu'aux regards au sol du rez-de-chaussée;
la mise en place d'une cuve de récupération des eaux pluviales et
d'un ensemble de surpression pour l'alimentation en eau non potable;
le raccordement en eau froide sanitaire depuis la canalisation d'eau
existante au sous-sol;
l'ensemble de la distribution Eau Froide sanitaire et Eau Froide pour
les besoins techniques, ainsi que la pose de ballons électriques de
productions ECS;
la fourniture et la pose des appareils sanitaires ainsi que leur
raccordement aux conduites d'évacuation gravitaires existantes;
la fourniture et la pose d'appareils de sécurité type lave-yeux, du
traitement des eaux plombées, du traitement des eaux Acides et du
traitement des eaux Hydrocarbures;
la mise en oeuvre des réseaux de distributions GAZ (Oxygène,
Acétylène, Propane) et d'air comprimé;
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000, 45331000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 305 Intitulé: Électricité courants forts et faibles
1)Description succincte
le raccordement à la boucle HTA normale du château et la création
d'un poste d'alimentation normale (transformateur + tgbt) propre au
château d'eau;
le raccordement à la boucle HTA de sécurité du château et la création
d'un poste d'alimentation de sécurité (transformateur + tgs) propre au
château d'eau;
l'alimentation et la distribution des équipements de production de
froid (groupes froids, tours de refroidissement, pompes), des appareils
spécifiques du service des Fontaines, des appareillages électriques
(prises de courant, interrupteurs, etc.) et des appareils d'éclairage;
la mise en place des différents appareils d'éclairage normaux et de
sécurité;
la mise en place de réseaux spécifiques courants faibles (réseaux
VDI, sûreté, GTC, etc.);
la mise en place d'un système de sécurité incendie (Ssi) de catégorie
A adressable et d'un équipement d'alarme de type 1;
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200, 45312100
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 307 Intitulé: Monte Charges
1)Description succincte
La mise en place d'un monte-charge sur 3 niveaux pour l'exploitation
des réserves du service de l'architecture.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
51511000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Les présents marchés prévoient une retenue de garantie d'un montant de
5 % à la charge du titulaire. Cette garantie sera établie selon les
conditions fixées aux articles 101 à 102 du code des marchés publics.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Modalité de financement: budget de l'OPPIC.
Modalités de paiement: Le règlement du marché sera effectué
conformément aux dispositions des articles 87 à 90 (avance) et 98
(délai global de paiement de 30 jours) du code des marchés publics. Des
acomptes seront versés au fur et à mesure de l'exécution du marché,
dans le respect des règles de la comptabilité publique et de l'article
91 du code des marchés publics.
Une avance pourra être versée au titulaire dans les conditions prévues
aux articles 87 à 90 du code des marchés publics.
Le moyen de paiement retenu est le virement.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Le cas échéant, les candidats pourront soumissionner sous forme de
groupement solidaire ou de groupement conjoint, en application de
l'article 51 du code des marchés publics.
Toutefois, conformément à l'article 51-7 du code des marchés publics,
le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de
groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Le prix. Pondération 40
2. La valeur technique. Pondération 60
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
VERS-CHE
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
7.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
A critères de sélection des candidatures
Sur la base des justifications remises, la liste des offres recevables
sera établie en tenant compte de la pertinence des références et
qualifications présentées, des garanties professionnelles et
financières, et du prix.
B justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
Pour tous les lots:
formulaire Dc1, Lettre de candidature habilitation du mandataire
par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante:
[8]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1
-dc2-dc3-dc4 )
formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante:
[9]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1
-dc2-dc3-dc4 )
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
(document à produire en annexe du formulaire Dc2);
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
(document à produire en annexe du formulaire Dc2);
indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
indication des titres d'études et professionnels des cadres de
l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou
de conduite des travaux de même nature que celle du marché (document à
produire en annexe du formulaire Dc2);
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature (document à produire en annexe du formulaire Dc2);
certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par
des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat (document à produire en
annexe du formulaire Dc2): les qualifications requises sont précisées
dans le règlement de consultation.
s'Il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur
public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces
opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de
l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire Dc2)
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
C conditions de mise à disposition du DCE
Le Dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à la
disposition de chaque candidat, sous format numérique, selon les 2
modalités suivantes:
1-téléchargement du DCE
Le DCE est téléchargeable depuis la plate-forme de dématérialisation de
l'oppic: [10]https://www.marches-publics.gouv.fr
Ce téléchargement peut être fait librement, sans inscription préalable
sur cette plate-forme.
Toutefois, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en
l'absence de cette inscription préalable, ils ne seront pas
automatiquement informés des éventuelles modifications et compléments
apportés au dossier.
2-remise du DCE sur un format physique numérique
Le DCE initial peut être remis à chaque candidat sur un CD ou DVD-ROM.
Pour ce faire, le candidat doit adresser une télécopie à:
Mme Yohane Agbahi
OPPIC département C équipe projets Versailles
30 rue du Château des rentiers 75013 Paris bureau 333
Fax no 01.44.97.79.03 tel no 01.44.97.78.61
Dans laquelle doit être précisé:
le nom et l'adresse du candidat;
l'identité et les coordonnées du correspondant désigné pour cette
affaire (Nom, Prénom, mail, no de téléphone et de fax);
si le candidat souhaite retirer le support physique demandé ou s'il
souhaite un envoi postal;
l'adresse précise et complète à laquelle doit être envoyé le support
physique, en cas de demande d'envoi postal;
Le support physique ainsi demandé sera, en fonction de la demande et
sous 3 jours ouvrables, soit disponible (pour un retrait par le
candidat), soit envoyé par simple envoi postal (sans garantie de
réception ni de délai d'acheminement).
Un seul support physique sera remis ou envoyé par candidat.
De même, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en
l'absence d'inscription sur plate-forme de dématérialisation de l'oppic
([11]https://www.marches-publics.gouv.fr), ils ne seront pas
automatiquement informés des éventuelles modifications et compléments
apportés au DCE.
Il ne sera pas remis de dossier au format papier.
D modalités de remise des offres et des candidatures
Les offres seront remises sous double enveloppe en un original et
quatre copies:
l'enveloppe intérieure portant la mention « Appel d'offres ouvert
château de Versailles château d'eau travaux phases 1 et 2 lot no
(à préciser) candidat: (préciser le nom et l'adresse) dossier de
candidature et offre »
l'enveloppe extérieure portant impérativement la mention « Appel
d'offres ouvert château de Versailles château d'eau travaux
phases 1 et 2 lot no(à préciser) ne pas ouvrir par le service
courrier »
Les plis seront impérativement remis avant la date limite indiquée dans
le présent avis par tout moyen permettant de donner une date certaine à
leur réception et de garantir la confidentialité de leur contenu à
l'adresse suivante: Oppic 30 rue du château des rentiers
département des marchés et des affaires juridiques cS 61336 75647
Paris Cedex 13.
L'Expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne
publique ne pouvant être tenue pour responsable des problèmes
d'acheminement du courrier.
Ou remis contre récépissé à la même adresse, bureau 358, 3ème étage, du
lundi au jeudi: de 9:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:30, et le vendredi: de
9:30 à 12:30 et de 14:30 à 17:00.
Les envois seront faits sous la seule responsabilité de l'expéditeur
jusqu'à réception et enregistrement par le service destinataire.
Les candidats qui ont adressés une offre électronique font parvenir
leur réponse par voie dématérialisée sur le site:
[12]https://www.e-marches.oppic.fr une assistance en ligne y est
accessible.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent
utiliser le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils
transmettent au pouvoir adjudicateur, sous peine de rejet de l'offre,
conformément à l'article 56 du code des marchés publics.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait
délivré après la date et l'heure limites fixées ci-avant ainsi que ceux
remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
E renseignements complémentaires
Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui
leur seraient utiles lors de leur étude, les candidats devront faire
parvenir, au plus tard 10 jours avant les date et heure limites, une
demande par fax et courrier électronique.
Pour les renseignements d'ordre technique:
Mme Héloïse Gabriel
Adresse électronique: [13]h.gabriel@oppic.fr
Copie: [14]d.coeur@oppic.fr
Télécopieur: 01 44 97 79 03
Cette demande doit préciser:
le nom et l'adresse du candidat;
l'identité et les coordonnées du correspondant désigné pour cette
affaire et auquel sera adressée la réponse (Nom, Prénom, mail, no de
téléphone et de télécopieur);
et, pour chaque question, le document du DCE concerné, la référence
de la clause dans ce document, ainsi que l'ouvrage ou la prestation
concernée;
Pour les renseignements d'ordre administratif:
Département des marchés et des affaires juridiques
Adresse électronique: [15]service.marches@oppic.fr.
Une visite des lieux est obligatoire. Les dates fixées pour les visites
obligatoires et communes sont spécifiées dans le règlement de
consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles
E-mail: [16]greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Adresse internet: [17]http://versailles.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 139205487
VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: référé
précontractuel: avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et
R551-1 à -6 du code de justice administrative);
référé contractuel: 31 jours après la publication de l'avis
d'attribution ou, à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la
conclusion du marché (articles L551-13 à -23 et R551-7 à -10 du code de
justice administrative);
recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du
marché;
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Labormöbel - RO-Bucuresti
Labormöbel
Installation von Einbaumöbeln
Dokument Nr...: 25173-2016 (ID: 2016012609053563965)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
RO-Bucuresti: Labormöbel
2016/S 17/2016 25173
Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Kiritescu (INCE)
al Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, INCE Calea
13 Septembrie nr. 13, sector 5, Zu Händen von: dnul Danut Gatan,
Bucuresti 050711, RUMÄNIEN. Telefon: +40 213182413. Fax: +40 213182413.
E-Mail: danutgatan@yahoo.com
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.10.2015, [1]2015/S
207-375433)
Betr.:
CPV:39180000, 45421153
Labormöbel
Installation von Einbaumöbeln
Anstatt:
VI.2) Informaii suplimentare:
.
muss es heißen:
VI.2) Informaii suplimentare:
Numar de oferte admisibile: 3
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375433-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2016 S17 - - Bunuri - Informaii suplimentare - licitaie
deschis
România-Bucuresti: Mobilier de laborator
2016/S 017-025173
Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Kiritescu (INCE)
al Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, INCE Calea
13 Septembrie nr. 13, sector 5, În atenia: dnul Danut Gatan, Bucuresti
050711, ROMÂNIA. Telefon: +40 213182413. Fax: +40 213182413. E-mail:
danutgatan@yahoo.com
(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 24.10.2015,
[1]2015/S 207-375433)
În ceea ce privete:
CPV:39180000, 45421153
Mobilier de laborator
Instalare de mobilier încorporat
În loc de:
VI.2) Informaii suplimentare:
.
A se citi:
VI.2) Informaii suplimentare:
Numar de oferte admisibile: 3
Alte informaii suplimentare
Informaii care urmeaz s fie corectate sau adugate în documentele de
licitaie corespunztoare.
Pentru informaii suplimentare, consultai documentele de licitaie
corespunztoare.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Elektrizität - SK-Trenín
Elektrizität
Erdgas
Dokument Nr...: 25273-2016 (ID: 2016012609071564073)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
SK-Trenín: Elektrizität
2016/S 17/2016 25273
Vorinformation
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s.
36302724
1. mája 11
Kontaktstelle(n): E-VO, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
Zu Händen von: Marek Hava
911 01 Trenín
SLOWAKEI
Telefon: +421 022102587 / 022102587
E-Mail: [3]obstaravanie@e-vo.sk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000, 09123000
Beschreibung
Elektrizität .
Erdgas .
References
3. mailto:obstaravanie@e-vo.sk?subject=TED
OT: 26/01/2016 S17 - - Dodávky - Predbené oznámenie bez výzvy na
súa - Neuplatnitené
Slovensko-Trenín: Elektrická energia
2016/S 017-025273
Predbené oznámenie
Tovary
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávate
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s.
36302724
1. mája 11
Kontaktné miesto (miesta): E-VO, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06
Bratislava
Kontaktná osoba: Marek Hava
911 01 Trenín
SLOVENSKO
Telefón: +421 022102587 / 022102587
E-mail: [5]obstaravanie@e-vo.sk
alie informácie mono získa na adrese: Vyie uvedené kontaktné
miesto/miesta
I.2)Druh verejného obstarávatea
Iné: § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.3)Hlavná innos
Iné: vodárenstvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateov
Verejný obstarávate nakupuje v mene iných verejných obstarávateov:
nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo sluby)
II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateom:
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania sluieb
Tovary
TVK, a.s., Kounícka 4, 911 05 Trenín.
Kód NUTS SK
II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zaha uzavretie rámcovej dohody: áno
II.4)Struný opis povahy a mnostva alebo hodnoty dodávok alebo
sluieb:
Výsledkom verejného obstarávania má by zabezpeenie nákupu energií
(elektrina a plyn) poskytovateom, ktorý zabezpeí dodávku energií
poda konkrétnych potrieb obstarávatea, ako aj komplexné sluby
spojené s bezpenou, stabilnou a komplexnou dodávkou energií pre cca
142 odberných miest elektriny a pre cca 6 odberných miest plynu
prevane v budovách technologického charakteru.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 900 000 EUR
II.5)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
09310000, 09123000
II.6)Plánovaný dátum zaatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finanné a technické informácie
III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz
na prísluné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky úasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Európskej únie: nie
VI.2)Doplujúce informácie:
VI.3)Informácie o veobecnom zákonnom rámci
Dôleité internetové adresy stránok tátnej správy, na ktorých mono
získa informácie
Daové právne predpisy [6]http://www.finance.gov.sk; [7]www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu ivotného prostredia
[8]http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky
[9]http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Orthopädische Prothesen - PT-Viseu
Orthopädische Prothesen
Dokument Nr...: 25373-2016 (ID: 2016012609084764164)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
PT-Viseu: Orthopädische Prothesen
2016/S 17/2016 25373
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
Av. Rei D. Duarte
Kontaktstelle(n): Serviço de Aprovisionamento e Património
Zu Händen von: Bruno Andrade
3504-509 Viseu
PORTUGAL
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33183200
Beschreibung
Orthopädische Prothesen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
2.3.2016 - 17:30
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Portugiesisch.
References
OT: 26/01/2016 S17 - - Fornecimentos - Anúncio de concurso - Concurso
público
Portugal-Viseu: Próteses ortopédicas
2016/S 017-025373
Anúncio de concurso
Fornecimentos
Directiva 2004/18/CE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
Av. Rei D. Duarte
Ponto(s) de contacto: Serviço de Aprovisionamento e Património
À atenção de: Bruno Andrade
3504-509 Viseu
PORTUGAL
Para obter mais informações, consultar: O(s) ponto(s) de contacto
indicado(s) acima
O caderno de encargos e documentos complementares (nomeadamente para o
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem
ser obtidos consultando: O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para: O(s)
ponto(s) de contacto indicado(s) acima
I.2)Tipo de autoridade adjudicante
Organismo de direito público
I.3)Actividade principal
Saúde
I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
adjudicantes
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1)Descrição
II.1.1)Título atribuído ao contrato pela autoridade adjudicante:
32/00034/2016 Acordo quadro para o fornecimento de diversas próteses
ortopédicas anca e joelho.
II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
prestação dos serviços
Fornecimentos
Compra
Código NUTS PT165
II.1.3)Informação acerca do contrato público, acordo-quadro ou Sistema
de Aquisição Dinâmico (SAD)
O anúncio implica a celebração de um acordo-quadro
II.1.4)Informação sobre o acordo-quadro
Acordo-quadro com um único operador
Duração do acordo-quadro
Duração em meses: 48
II.1.5)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
Acordo quadro para o fornecimento de diversas próteses ortopédicas
anca e joelho.
II.1.6)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
33183200
II.1.7)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
II.1.8)Lotes
II.1.9)Informação sobre as variantes
II.2)Quantidade ou âmbito do contrato
II.2.1)Quantidade total ou âmbito:
II.2.2)Informação sobre as opções
II.2.3)Informação sobre as reconduções
II.3)Duração do contrato ou prazo de execução
Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e
técnico
III.1)Condições relativas ao contrato
III.1.1)Cauções e garantias exigidas:
III.1.2)Principais condições de financiamento e modalidades de
pagamento e/ou referência às disposições que as regulam:
III.1.3)Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores
económicos ao qual vai ser adjudicado o contrato:
III.1.4)Outras condições especiais
III.2)Condições de participação
III.2.1)Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente
requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou
comerciais
III.2.2)Capacidade económica e financeira
III.2.3)Capacidade técnica
III.2.4)Informação sobre contratos reservados
III.3)Condições específicas para os contratos de serviços
III.3.1)Informação sobre uma profissão específica
III.3.2)Pessoal responsável pela execução do serviço
Secção IV: Procedimento
IV.1)Tipo de procedimento
IV.1.1)Tipo de procedimento
Concurso público
IV.1.2)Limitações quanto ao número de operadores que serão convidados a
concorrer ou a participar
IV.1.3)Redução do número de operadores durante a negociação ou o
diálogo
IV.2)Critérios de adjudicação
IV.2.1)Critérios de adjudicação
IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
IV.3)Informação administrativa
IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
adjudicante:
IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
não
IV.3.3)Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos
complementares ou da memória descritiva
IV.3.4)Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação
2.3.2016 - 17:30
IV.3.5)Data de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos
convites para participar aos candidatos seleccionados
IV.3.6)Língua(s) em que as propostas ou os pedidos de participação
podem ser redigidos
português.
IV.3.7)Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter
a sua proposta
IV.3.8)Condições de abertura das propostas
Secção VI: Informação complementar
VI.1)Informação sobre o carácter recorrente
VI.2)Informação sobre os fundos da União Europeia
VI.3)Informação complementar
VI.4)Procedimentos de recurso
VI.4.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
VI.4.2)Interposição de recursos
VI.4.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
interposição de recursos
VI.5)Data de envio do presente anúncio:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Akustische Ausrüstung - FR-Paris
Akustische Ausrüstung
Audiovisuelle Geräte
Dokument Nr...: 25473-2016 (ID: 2016012609093764262)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
FR-Paris: Akustische Ausrüstung
2016/S 17/2016 25473
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
École du Louvre
Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
FRANKREICH
E-Mail: [4]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.ecoledulouvre.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://www.marches-publics.gouv.fr
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Weitere Auskünfte erteilen: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du Carrousel
Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-Mail: [9]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Internet-Adresse:
[10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du Carrousel
Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-Mail: [11]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Internet-Adresse:
[12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du carrousel
Kontaktstelle(n): Service juridique et financier
Zu Händen von: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-Mail: [13]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Internet-Adresse:
[14]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32342410, 32321200
Beschreibung
Akustische Ausrüstung.
Audiovisuelle Geräte.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
5. http://www.ecoledulouvre.fr/
6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
7. http://www.marches-publics.gouv.fr/
8. http://www.marches-publics.gouv.fr/
9. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
10. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
11. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
12. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
13. mailto:marches.publics@ecoledulouvre.fr?subject=TED
14. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
OT: 26/01/2016 S17 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Paris: Matériel de sonorisation
2016/S 017-025473
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
École du Louvre
Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
FRANCE
E-mail: [6]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://www.ecoledulouvre.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
Accès électronique à l'information:
[9]http://www.marches-publics.gouv.fr
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du Carrousel
Point(s) de contact: Service juridique et financier
À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-mail: [11]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Adresse internet:
[12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du Carrousel
Point(s) de contact: Service juridique et financier
À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-mail: [13]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Adresse internet:
[14]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: École du Louvre
19754687200015
palais du Louvre, place du carrousel
Point(s) de contact: Service juridique et financier
À l'attention de: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
75038 Paris Cedex 01
E-mail: [15]marches.publics@ecoledulouvre.fr
Adresse internet:
[16]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=282395&orgAcronyme=f5j
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Éducation
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Palais du Louvre, place du carrousel, 75038
Paris Cedex 01.
Code NUTS FR101
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le présent marché a pour objet le renouvellement d'une partie de son
parc audiovisuel et la rénovation du son de certains amphithéâtres et
salles. Pour ce faire, l'école du Louvre souhaite que soient effectuées
la mise en place de nouveaux matériels audiovisuels et ainsi que celle
d'un dispositif de son de haute qualité, afin de poursuivre sa démarche
d'un équipement performant comme soutien à son enseignement tant sur la
diffusion de l'image que du son.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32342410, 32321200
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Lot 1: fourniture et services pour la rénovation de la sonorisation de
4 amphithéâtres,
lot 2: fourniture et installation de matériels audiovisuels (de vidéo
projection, remplacement du pilotage et de la numérisation vidéo) de 5
amphithéâtres sur 2 sites et deux salles de cours.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Fourniture et services pour la rénovation de la
sonorisation de quatre amphithéâtres
1)Description succincte
Il est prévu la rénovation de la sonorisation de quatre amphithéâtres
de l'école du Louvre.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32342410
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
L'exécution des prestations débutera à cette date et jusqu'à complète
exécution des prestations. Celles-ci sont prévues à partir de l'été
2016 (dernière semaine de juin 2016 avec une réception début septembre
2016).
Lot nº: 2 Intitulé: Fourniture et installation de matériels
audiovisuels (de vidéo projection, remplacement du pilotage et de la
numérisation vidéo) de 5 amphithéâtres et deux salles
1)Description succincte
Fourniture et installation de matériels audiovisuels (de vidéo
projection, remplacement du pilotage et de la numérisation vidéo) pour
cinq amphithéâtres et 2 salles de cours de l'école du Louvre.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32321200
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
L'exécution des prestations débutera à cette date et jusqu'à complète
exécution des prestations. Celles-ci sont prévues à partir de l'été
2016 (dernière semaine de juin 2016 avec une réception début septembre
2016).
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Le marché est financé sur le budget de l'école du Louvre. Une avance
forfaitaire pourra être versée selon les modalités de l'article 87 du
code des marchés publics. Les sommes dues aux titulaires seront payées
après service fait sur présentation d'une facture. Le délai global de
paiement, à compter de la date de réception de la facture par
l'établissement, est de 30 jours, conformément aux dispositions de
l'article 98 du Code des marchés publics et conformément aux
dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 et de son
décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Sur
le lot 1, le maître d'oeuvre dispose ensuite d'un délai de cinq (5)
jours ouvrés pour transmettre le projet de facturation devenu facture à
la personne publique. Les prix sont fermes. Ils sont actualisables
selon les modalités indiquées ci-dessous s'il s'écoule plus de trois
(3) mois entre la date d'établissement du prix et la date de début
d'exécution des prestations considérée conformément à l'article 18 du
code des marchés publics.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
2016-001
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
7.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Compte tenu de la complexité du marché, la visite des locaux est
obligatoire. Le candidat prendra connaissance des locaux de l'école et
de tous les éléments afférents à la réalisation des prestations afin
d'être en mesure d'exécuter le présent marché. Tout candidat qui n'aura
pas effectué de visite préalable ne pourra faire de recours à ce titre
au motif qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au
dépôt d'une offre.
Les visites, communes aux 2 lots, se dérouleront impérativement:
le mardi 2.2.2016 à 10:00,
ou le mardi 2.2.2016 à 14:00.
Ce calendrier de visite a été fixé en tenant compte de la date de
remise des offres et en fonction des impératifs des équipes techniques
et des disponibilités réduites des espaces à visiter.
Aucun autre créneau de visite ne pourra être proposé.
À ce titre, le titulaire sera réputé avoir une connaissance suffisante
des lieux lui permettant d'effectuer sa mission et ne pourra élever
quelque protestation ou réclamation que ce soit à ce titre,
postérieurement à la notification du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [17]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Adresse internet: [18]http://paris.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [19]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Adresse internet: [20]http://paris.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 144594646
VI.5)Date denvoi du présent avis:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen - UK-London
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen
Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte
Technische Unterstützung
Objektive für Fotokameras
Digitalkameras
Kameragehäuse
Batterien
Arbeitsspeichermedien
Fernsehkameras
Dokument Nr...: 25573-2016 (ID: 2016012609120864366)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
UK-London: Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen
2016/S 17/2016 25573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
The British Broadcasting Corporation (BBC)
Broadcasting House, Portland Place
Zu Händen von: Hendry Felicity
W1A 1AA London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 7714182671
E-Mail: [4]felicity.hendry1@bbc.co.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.bbc.co.uk/supplying/
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://www.bbc.co.uk/supplying/
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://bbc.bravosolution.co.uk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32211000, 32333000, 71356300, 38651100, 38651600, 38651200, 31440000,
32211000, 30234500, 32240000
Beschreibung
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen.
Videoaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte.
Technische Unterstützung.
Objektive für Fotokameras.
Digitalkameras.
Kameragehäuse.
Batterien.
Produktionsausrüstung für Rundfunk und Fernsehen.
Arbeitsspeichermedien.
Fernsehkameras.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
CCK Media Ltd
175-176 Tottenham Court Road
W1T 7NX London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [8]dave@cckmedia.com
Telefon: +44 2074957005
Internet-Adresse: [9]www.cckmedia.com
Fax: +44 2074091808
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Creative Video Productions Ltd
Priory Mill, Castle Road, Warwickshire
B80 7AA Studley
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [10]mark@cvp.com
Telefon: +44 1527854222
Internet-Adresse: [11]www.cvp.com
Fax: +44 1527857666
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
IDX Technology Europe Ltd
Unit 9, Langley Park, Waterside Drive, Berkshire
SL3 6AD Langley
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [12]Robert.holland@idx.tv
Telefon: +44 1753547692
Internet-Adresse: [13]www.idx-europe.co.uk
Fax: +44 1753546660
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
1 Windmill Business Village, Brooklands Close
TW16 7DY Sunbury-on-Thames
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [14]mark.capstick@ikegami.co.uk
Telefon: +44 1932769700
Internet-Adresse: [15]www.ikegami.de
Fax: +44 1932769710
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
JVCKenwood UK Ltd
12 Priestley Way
NW2 7BA London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [16]john.kelly@uk.jvckenwood.com
Telefon: +44 2082086200
Internet-Adresse: [17]www.jvcpro.co.uk
Fax: +44 2082086260
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
PAG Ltd
565 Kingston Road, Raynes Park
SW20 8SA London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [18]nigel@paguk.com
Telefon: +44 2085433131
Internet-Adresse: [19]www.paguk.com
Fax: +44 2085404116
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Panasonic UK Ltd
Willoughby Road, Berkshire
RG12 8FP Bracknell
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [20]nigel.wilkes@eu.panasonic.com
Telefon: +44 1344862444
Internet-Adresse: [21]http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
Fax: +44 1344706919
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
PMD Magnetics
Nelson House, Hamilton Terrace
CV32 4LY Leamington Spa
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [22]Sam@pmdmagnetics.co.uk
Telefon: +44 1789268579
Internet-Adresse: [23]www.pmdmagnetics.com
Fax: +44 1789414450
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Pyser-SGI Ltd
Fircroft Way, Castle Road, Kent
TN8 6HA Edenbridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [24]stefan@pyser-sgi.com
Telefon: +44 1732864111
Internet-Adresse: [25]www.pyser-sgi.com
Fax: +44 1732865544
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Top-Teks Ltd
Bridge House, Royal Quay, Park Lane
UB9 6JA Harefield
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [26]mike@topteks.com
Telefon: +44 1895825619
Internet-Adresse: [27]www.top-teks.co.uk
Fax: +44 1895822232
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Visual Impact UK Ltd
Unit 3 & 4, Teddington Business Park, Station Road,Teddington
TW11 9BQ London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [28]tim@visuals.co.uk
Telefon: +44 2089771222
Internet-Adresse: [29]www.visuals.co.uk
Fax: +44 2089435307
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:felicity.hendry1@bbc.co.uk?subject=TED
5. http://www.bbc.co.uk/supplying/
6. https://www.bbc.co.uk/supplying/
7. https://bbc.bravosolution.co.uk/
8. mailto:dave@cckmedia.com?subject=TED
9. http://www.cckmedia.com/
10. mailto:mark@cvp.com?subject=TED
11. http://www.cvp.com/
12. mailto:Robert.holland@idx.tv?subject=TED
13. http://www.idx-europe.co.uk/
14. mailto:mark.capstick@ikegami.co.uk?subject=TED
15. http://www.ikegami.de/
16. mailto:john.kelly@uk.jvckenwood.com?subject=TED
17. http://www.jvcpro.co.uk/
18. mailto:nigel@paguk.com?subject=TED
19. http://www.paguk.com/
20. mailto:nigel.wilkes@eu.panasonic.com?subject=TED
21. http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
22. mailto:Sam@pmdmagnetics.co.uk?subject=TED
23. http://www.pmdmagnetics.com/
24. mailto:stefan@pyser-sgi.com?subject=TED
25. http://www.pyser-sgi.com/
26. mailto:mike@topteks.com?subject=TED
27. http://www.top-teks.co.uk/
28. mailto:tim@visuals.co.uk?subject=TED
29. http://www.visuals.co.uk/
OT: 26/01/2016 S17 - - Supplies - Contract award notice - Restricted
procedure
United Kingdom-London: Broadcast production equipment
2016/S 017-025573
Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
The British Broadcasting Corporation (BBC)
Broadcasting House, Portland Place
For the attention of: Hendry Felicity
W1A 1AA London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 7714182671
E-mail: [6]felicity.hendry1@bbc.co.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.bbc.co.uk/supplying/
Electronic access to information: [8]https://www.bbc.co.uk/supplying/
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[9]https://bbc.bravosolution.co.uk
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: broadcasting
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Video Acquisition Professional and Semi-professional Cameras and
Accessories Framework.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
BBC sites across the United Kingdom please refer to a full list of
relevant sites contained within the PQQ document.
NUTS code UK
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
The BBC is seeking to establish a roster of non-exclusive, best value
for money pan-BBC framework agreements for the supply of professional
video acquisition equipment, professional lenses, portable storage
devices and storage cards, advanced camera battery systems, semi-pro
and consumer camera equipment and linear and file-based record and
replay equipment, including warranty and support. The Framework is
divided into Lots. Camera Lots 1, 2 and 3 are based on the European
Broadcasting Union (EBU) R118-1 Camera Tiers (found at:
[10]https://tech.ebu.ch/docs/r/r118.pdf), which is a minimum criterion:
Lot 1: System cameras (Tier 1 EBU R118 Section 2.4.1);
Lot 2: Portable camcorders (UHD1 Tier 1 and 2, HD Tier 1, 2L and 2J EBU
R118 Sections 2.1 and 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5 and 2.6);
Lot 3: Specialist cameras (Tier SP EBU R118 Section 2.3 but other
sections will be considered);
Lot 4: Consumer and non-broadcast cameras and accessories;
Lot 5: Professional broadcast lenses;
Lot 6: Portable storage devices, media cards and card readers;
Lot 7: File-based record and replay equipment;
Lot 8: Advanced camera battery systems and camera accessories.
More information relating to the Lots can be found in the PQQ Document
(PROC/2014/64/FH).
The aim of the framework is to provide competitive agreements covering
a broad and diverse range of equipment, high service levels,
high-quality comprehensive technical back up/support, warranty and
guidance on equipment use. Suppliers must demonstrate that they can
offer sufficient breadth of equipment, technical know-how/expertise and
delivery. All products will be generally available from stock,
supported by appropriate inventory levels from a supplier (s) with
proven experience of dealing with large multi-site organisations. A
range of rapid delivery solutions will be required to BBC premises
across the UK, with next day delivery as a standard offering, inclusive
in product pricing.
The product range will reflect the operational needs of the BBC during
the lifetime of the Framework and must be dynamically managed to
reflect changing technologies employed within the broadcast environment
with commitment and ability in terms of a proactive approach to
collaboration with the BBC. Mini-competition call off contracts and
reverse e-Auctions may be used for significant value spend.
The initial contract term is for 2 years. The BBC may at its sole
discretion extend the framework (s) on up to 2 further occasions by up
to 12 months on each occasion.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
32211000, 32333000, 71356300, 38651100, 38651600, 38651200, 31440000,
32211000, 30234500, 32240000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Equipment range, refresh programme, value for money, warranty,
availability and delivery (Lot 1, 2, 3, 5, 7 and 8 only). Weighting 20
2. Equipment range, refresh programme, value for money, warranty,
availability and delivery (Lot 4 and 6 only). Weighting 25
3. Customer and technical support services (Lot 1, 2, 3, 5, 7 and 8
only). Weighting 20
4. Customer support services (Lot 4 and 6 only). Weighting 25
5. Training (Lot 1, 2, 3, 5 and 7 only). Weighting 10
6. Safe use and transportation (Lot 8 only). Weighting 10
7. Contract management, performance and reporting all Lots. Weighting
20
8. Continuous improvement all Lots. Weighting 20
9. Sustainability and supply chain management all Lots. Weighting 10
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
PROC/2014/64/FH
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: [11]2015/S 039-066264 of 25.2.2015
Section V: Award of contract
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
CCK Media Ltd
175-176 Tottenham Court Road
W1T 7NX London
UNITED KINGDOM
E-mail: [12]dave@cckmedia.com
Telephone: +44 2074957005
Internet address: [13]www.cckmedia.com
Fax: +44 2074091808
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Creative Video Productions Ltd
Priory Mill, Castle Road, Warwickshire
B80 7AA Studley
UNITED KINGDOM
E-mail: [14]mark@cvp.com
Telephone: +44 1527854222
Internet address: [15]www.cvp.com
Fax: +44 1527857666
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
IDX Technology Europe Ltd
Unit 9, Langley Park, Waterside Drive, Berkshire
SL3 6AD Langley
UNITED KINGDOM
E-mail: [16]Robert.holland@idx.tv
Telephone: +44 1753547692
Internet address: [17]www.idx-europe.co.uk
Fax: +44 1753546660
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Ikegami Electronics (Europe) GmbH
1 Windmill Business Village, Brooklands Close
TW16 7DY Sunbury-on-Thames
UNITED KINGDOM
E-mail: [18]mark.capstick@ikegami.co.uk
Telephone: +44 1932769700
Internet address: [19]www.ikegami.de
Fax: +44 1932769710
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
JVCKenwood UK Ltd
12 Priestley Way
NW2 7BA London
UNITED KINGDOM
E-mail: [20]john.kelly@uk.jvckenwood.com
Telephone: +44 2082086200
Internet address: [21]www.jvcpro.co.uk
Fax: +44 2082086260
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
PAG Ltd
565 Kingston Road, Raynes Park
SW20 8SA London
UNITED KINGDOM
E-mail: [22]nigel@paguk.com
Telephone: +44 2085433131
Internet address: [23]www.paguk.com
Fax: +44 2085404116
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Panasonic UK Ltd
Willoughby Road, Berkshire
RG12 8FP Bracknell
UNITED KINGDOM
E-mail: [24]nigel.wilkes@eu.panasonic.com
Telephone: +44 1344862444
Internet address: [25]http://business.panasonic.eu/broadcast-and-proav
Fax: +44 1344706919
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
PMD Magnetics
Nelson House, Hamilton Terrace
CV32 4LY Leamington Spa
UNITED KINGDOM
E-mail: [26]Sam@pmdmagnetics.co.uk
Telephone: +44 1789268579
Internet address: [27]www.pmdmagnetics.com
Fax: +44 1789414450
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Pyser-SGI Ltd
Fircroft Way, Castle Road, Kent
TN8 6HA Edenbridge
UNITED KINGDOM
E-mail: [28]stefan@pyser-sgi.com
Telephone: +44 1732864111
Internet address: [29]www.pyser-sgi.com
Fax: +44 1732865544
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Top-Teks Ltd
Bridge House, Royal Quay, Park Lane
UB9 6JA Harefield
UNITED KINGDOM
E-mail: [30]mike@topteks.com
Telephone: +44 1895825619
Internet address: [31]www.top-teks.co.uk
Fax: +44 1895822232
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1)Date of contract award decision:
2.10.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 17
Number of offers received by electronic means: 17
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Visual Impact UK Ltd
Unit 3 & 4, Teddington Business Park, Station Road,Teddington
TW11 9BQ London
UNITED KINGDOM
E-mail: [32]tim@visuals.co.uk
Telephone: +44 2089771222
Internet address: [33]www.visuals.co.uk
Fax: +44 2089435307
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Oberbekleidung - SI-Ljubljana
Oberbekleidung
Kleidung
Bekleidungszubehör
Schuhwerk
Dokument Nr...: 25673-2016 (ID: 2016012609131164449)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
SI-Ljubljana: Oberbekleidung
2016/S 17/2016 25673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
FURS
martinska cesta 55
Zu Händen von: Botjan Smodek
SI-1000 Ljubljana
SLOWENIEN
Telefon: +386 14783800
E-Mail: [4]gfu.fu@gov.si
Fax: +386 14783900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fu.gov.si
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
18200000, 18300000, 18420000, 18800000
Beschreibung
Oberbekleidung.
Kleidung.
Bekleidungszubehör.
Schuhwerk.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 241 893,66 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 22
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Kolari Zlatko S.P. Senior Joy Krojatvo
Wilhelmova ulica 2
SI-2250 Ptuj
SLOWENIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 195 735 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 163 071,19 EUR
ohne MwSt
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Viljem Buan S.P.
Britof 240
SI-4000 Kranj
SLOWENIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 29 705 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 202,30 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:gfu.fu@gov.si?subject=TED
5. http://www.fu.gov.si/
OT: 26/01/2016 S17 - - Blago - Obvestilo o oddaji naroila - Odprti
postopek
Slovenija-Ljubljana: Vrhnja oblaila
2016/S 017-025673
Obvestilo o oddaji naroila
Blago
Direktiva 2004/18/ES
Oddelek I: Naronik
I.1)Ime, naslovi in kontaktne toke
FURS
martinska cesta 55
V roke: Botjan Smodek
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Telefon: +386 14783800
E-pota: [6]gfu.fu@gov.si
Telefaks: +386 14783900
Internetni naslovi:
Internetni naslov naronika: [7]http://www.fu.gov.si
I.2)Vrsta naronika
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vkljuno
z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
I.3)Glavna podroja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naroil v imenu drugih naronikov
Naronik izvaja postopek v imenu drugih naronikov: ne
Oddelek II: Predmet naroila
II.1)Opis
II.1.1)Naziv naroila, ki ga je doloil naronik
Javno naroilo za nakup uniform (JN 23/2015 UNIFORMA).
II.1.2)Vrsta naroila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
ifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinaminem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naroila ali nabave
Javno naroilo za nakup uniform.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naroil
18200000, 18300000, 18420000, 18800000
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naroilih
Naroilo ureja Sporazum o vladnih naroilih (GPA): ne
II.2)Skupna konna vrednost naroil
II.2.1)Skupna konna vrednost naroil
Vrednost: 241 893,66 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 22
Oddelek IV: Postopek
IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnija cena
IV.2.2)Informacije o elektronski drabi
Uporabljena je elektronska draba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenna tevilka dokumenta, ki jo je izbral naronik
430-10468/2015-
IV.3.2)Prejnje objave v zvezi z istim naroilom
Obvestilo o naroilu
tevilka obvestila v UL: [8]2015/S 184-333764 z dne 23.9.2015
Oddelek V: Oddaja naroila
t. sklopa: 2 - Naziv: evlji
V.1)Datum oddaje naroila:
22.12.2015
V.2)Informacije o ponudbah
tevilo prejetih ponudb: 2
tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
Kolari Zlatko S.P. Senior Joy Krojatvo
Wilhelmova ulica 2
SI-2250 Ptuj
SLOVENIJA
V.4)Informacije o vrednosti naroila
Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
Vrednost: 195 735 EUR
Brez DDV
Skupna konna vrednost naroila:
Vrednost: 163 071,19 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
t. sklopa: 3 - Naziv: Nogavice
V.1)Datum oddaje naroila:
22.12.2015
V.2)Informacije o ponudbah
tevilo prejetih ponudb: 1
tevilo elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naroilo oddano
Viljem Buan S.P.
Britof 240
SI-4000 Kranj
SLOVENIJA
V.4)Informacije o vrednosti naroila
Zaetna skupna ocenjena vrednost naroila:
Vrednost: 29 705 EUR
Brez DDV
Skupna konna vrednost naroila:
Vrednost: 35 202,30 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naroilih, oddanih podizvajalcem
Naroilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naroilo se nanaa na projekt in/ali program, ki se financira s
sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
Javno naroilo za sklop 1: Oblailni deli uniforme, brez nogavic ni
bilo oddano.
VI.3)Pritobeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritobene postopke
FURS
martinska cesta 55
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
VI.3.2)Vloitev pritob
VI.3.3)Sluba, pri kateri dobite informacije o vloitvi pritob
FURS
martinska cesta 55
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
VI.4)Datum poiljanja tega obvestila:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Fahrzeuge für den Winterdienst - DE-Friedberg
Fahrzeuge für den Winterdienst
Dokument Nr...: 2573-2016 (ID: 2016010609053439957)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
DE-Friedberg: Fahrzeuge für den Winterdienst
2016/S 3/2016 2573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Friedberg
Marienplatz 5
Kontaktstelle(n): Vergabestelle
Zu Händen von: Herrn Korbinian Vachal
86316 Friedberg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8216002120
E-Mail: [6]korbinian.vachal@friedberg.de
Fax: +49 821600288120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.friedberg.de
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[8]www.staatsanzeiger-eservices.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Beschaffung eines LKW mit Ladekran und Winterdienstausrüstung.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Stefanstraße 1, 86316 Friedberg.
NUTS-Code DE275
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Beschaffung eines LKW mit Ladekran und Winterdienstausrüstung für den
Baubetriebshof der Stadt Friedberg.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34143000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 255 415,65 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 19
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Preis. Gewichtung 50
2. Qualität / technischer Wert. Gewichtung 20
3. Funktionalität / Gebrauchswert. Gewichtung 20
4. Service / Kundendienst. Gewichtung 5
5. Energieeffizienz. Gewichtung 5
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 172-312497 vom 5.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
4.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
BayWa AG SR Südbayern
Markter Straße 2
86405 Erlingen
DEUTSCHLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 255 415,65 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 19
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
unbekannt
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Südbayern; Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80534 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Internet-Adresse: [11]http://regierung.oberbayern.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die
Fristen richten sich nach § 107 GWB. Soweit ein Nachprüfungsantrag erst
nach Zuschlagserteilung zugestellt wird, ist er unzulässig (§ 114 GWB).
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer Südbayern; Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80534 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [12]vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Internet-Adresse: [13]http://regierung.oberbayern.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
4.1.2016
References
6. mailto:korbinian.vachal@friedberg.de?subject=TED
7. http://www.friedberg.de/
8. http://www.staatsanzeiger-eservices.de/
9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312497-2015:TEXT:DE:HTML
10. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de?subject=TED
11. http://regierung.oberbayern.bayern.de/
12. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob-bayern.de?subject=TED
13. http://regierung.oberbayern.bayern.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - PL-Warschau
Gebäudereinigung
Büroreinigung
Fensterreinigung
Parkplatzreinigung
Schneeräumung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Anlegen von Rasen
Dokument Nr...: 25773-2016 (ID: 2016012609145664550)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
PL-Warschau: Gebäudereinigung
2016/S 17/2016 25773
Mazowiecki Oddzia Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, al. Jana Pawa II 70, Zu Händen von: Magdalena Nasiowska,
Warszawa 00-175, POLEN. Telefon: +48 225365847. Fax: +48 228602842.
E-Mail: magdalena.nasilowska@arimr.gov.pl
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
250-458728)
Betr.:
CPV:90911200, 90919200, 90911300, 90914000, 90620000, 77310000,
77314100
Gebäudereinigung
Büroreinigung
Fensterreinigung
Parkplatzreinigung
Schneeräumung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Anlegen von Rasen
Anstatt:
II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 896958,40 PLN
Bez VAT.
V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 896958,40 PLN
Bez VAT.
muss es heißen:
II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 892958,44 PLN
Bez VAT.
V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 892958,44 PLN
Bez VAT.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458728-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 26/01/2016 S17 - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Warszawa: Usugi sprztania budynków
2016/S 017-025773
Mazowiecki Oddzia Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, al. Jana Pawa II 70, Osoba do kontaktów: Magdalena
Nasiowska, Warszawa 00-175, POLSKA. Tel.: +48 225365847. Faks: +48
228602842. E-mail: magdalena.nasilowska@arimr.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 26.12.2015,
[1]2015/S 250-458728)
Przedmiot zamówienia:
CPV:90911200, 90919200, 90911300, 90914000, 90620000, 77310000,
77314100
Usugi sprztania budynków
Usugi sprztania biur
Usugi czyszczenia okien
Usugi sprztania parkingów
Usugi odnieania
Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
Usugi w zakresie trawników
Zamiast:
II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 896958,40 PLN
Bez VAT.
V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 896958,40 PLN
Bez VAT.
Powinno by:
II.2.1) Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie):
Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 892958,44 PLN
Bez VAT.
V.4) Informacje na temat wartoci zamówienia:
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 892958,44 PLN
Bez VAT.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke - UK-Hertford
Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
Kraftfahrzeuge
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
Personenkraftwagen
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Dokument Nr...: 25873-2016 (ID: 2016012609163164653)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
UK-Hertford: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
2016/S 17/2016 25873
Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hertfordshire County Council
Pegs Lane
Kontaktstelle(n): Strategic Procurement Group
Zu Händen von: Zoe Upson
SG13 8DE Hertford
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 01707292463
E-Mail: [3]zoe.upson@hertfordshire.gov.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.hertsdirect.org
Adresse des Beschafferprofils: [5]www.supplyhertfordshire.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34000000, 34100000, 34120000, 34110000, 60000000
Beschreibung
Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke .
Kraftfahrzeuge .
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen .
Personenkraftwagen .
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) .
References
3. mailto:zoe.upson@hertfordshire.gov.uk?subject=TED
4. http://www.hertsdirect.org/
5. http://www.supplyhertfordshire.uk/
OT: 26/01/2016 S17 - - Services - Prior Information Notice without
call for competition - Not applicable
United Kingdom-Hertford: Transport equipment and auxiliary products to
transportation
2016/S 017-025873
Prior information notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Hertfordshire County Council
Pegs Lane
Contact point(s): Strategic Procurement Group
For the attention of: Zoe Upson
SG13 8DE Hertford
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 01707292463
E-mail: [5]zoe.upson@hertfordshire.gov.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [6]www.hertsdirect.org
Address of the buyer profile: [7]www.supplyhertfordshire.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Pre-Procurement Market Engagement for the provision of Self Drive Hire
and Passenger Carrying Vehicles with Driver.
II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
Service category No 2: Land transport services [2], including armoured
car services, and courier services, except transport of mail
II.3)Information on framework agreement
II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
services:
2. Current position.
The Council is seeking pre-procurement market engagement for the
following;
The Council and its customers have a requirement for the provision of
self-drive hire vehicles to include cars and commercials and in
addition passenger carrying vehicles with driver.
It is anticipated that any future procurement will be broken down into
the following Vehicle Lots as listed below:
Lot 1: Cars (including 4 x 4 vehicles) and automatics;
Lot 2: Goods Vehicles small vans and up to 3.5 tonne with variety
of body styles including variety of box styles with or without
tail-lift and lorries 7.5 tonnes and over;
Lot 3: Minibuses;
Lot 4: Passenger carrying vehicles with wheelchair access;
Lot 5: Passenger carrying vehicles with driver e.g. minibus,
small/large coach;
Lot 6: Specialist/Municipal Vehicles;
Lot 7: Insured Vehicles.
The existing framework expires at the end of September 2016 and this
requirement is to renew and re procure this framework. The current
self-drive hire framework has been well supported and provided
competitive vehicle hire for the Council and its customers. We have a
number of key users of the current framework which includes Academy's,
Schools, Northamptonshire County Council, Youth Connexions and Herts
Catering.
Current Scope.
The current service enables reliable continuity of the Council and its
customer's everyday services and business at best value. The growth of
our customer base with the current framework outweighed our
expectations and we will be marketing the possibility of the new
framework with districts and other potential customers. This framework
is also heavily relied on for transporting pupils on trips and
activities also used by departments when their own vehicles are off the
road or being serviced. It is anticipated that the Council will procure
a multi supplier framework moving forwards to enable full coverage
across the country.
This brief is being used as an outline to engage with the market so the
Council can discuss the opportunity with potentially interested
organisations.
It's anticipated that the selected supplier(s) would be required to
work collaboratively with the Council to continually support the
service to ensure it is reliable, cost effective and meets the needs of
our service users and customers.
The intention is to procure a framework for a fixed term of three years
with the option to extend for a further year at the sole discretion of
the Council. The anticipated total value of the framework is ranged
between 666 000 GBP to 1 100 000 GBP.
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
34000000, 34100000, 34120000, 34110000, 60000000
II.6)Scheduled date for start of award procedures
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.8)Additional information:
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Process.
The pre-procurement market engagement will comprise:
Submission of the Supplier Questionnaire (please see Appendix A
separate MS Word document) Supplier Questionnaire's must be received by
12.2.2016.
For the avoidance of doubt, this stage of the project is not part of a
formal procurement process and the Council is not committing, at this
stage to carrying out such a process.
Participation or non-participation in this pre-procurement market
engagement shall not prevent any supplier participating in a potential
procurement process nor is it intended that any information supplied
shall place any supplier at an advantage in any forthcoming procurement
process.
Indicative Timetable.
The indicative timetable is summarised below:
The Council publishes a PIN in the OJEU 22.1.2016;
Deadline for Queries 1.2.2016;
Return of Supplier Questionnaires 12.2.2015;
Pre-Procurement Market Engagement concludes 19.2.2016;
Proposed Procurement process commences April 2016.
Queries.
The Council's eTendering system, In-Tend, enables questions and answers
to be exchanged via the email facility.
Any queries regarding this process must be submitted via the In-Tend
system by the deadline stated in section 6.7) above. Although the
source of any questions will be kept confidential, both the query
itself and the Council's response may be shared with the other
interested parties at its sole discretion.
The Council will seek to respond within 3 working days via the In-Tend
system but gives no guarantee that it will respond at all.
Disclaimer.
The information in this document and the related appendix is solely for
the purpose of the Council's pre-procurement market engagement and no
representation, warranty, or undertaking is given by the Council as to
its accuracy or completeness, and the Council accepts no liability in
relation to this.
No information contained in the documents or in any communication made
between the Council and any supplier in connection with its
pre-procurement market engagement shall be relied upon as constituting
a contract, agreement or representation that any contract shall be
awarded.
The Council reserves the right, at its discretion to:
1) Change this document and/or the procedure for the pre-procurement
market engagement; and
2) Proceed, or not, with a subsequent procurement.
The Council will not treat as confidential, any information submitted
in response to this process, and respondents should note that the
Council is subject to the requirements under the Freedom of Information
Act 2000 and the Environmental Information Regulations 2004 and may be
obliged to disclose responses.
Participation in the pre-procurement market engagement will be at each
supplier's own cost. No expense in responding to this process will be
reimbursed by the Council.
Supplier Questionnaire Instructions.
Completing the Supplier Questionnaire.
Please answer all questions fully as possible i.e. within each response
area provided. Please limit your response to each question to a maximum
of 2 sides of A4. Any questions which you feel are not relevant; please
enter Not Applicable. Company brochures or other general marketing
information should not be attached in addition to this.
Any supporting documents must be cross-referenced to the relevant
question. If the Council requires further information concerning your
response, your organisation will be contacted. However, please provide
full details and answer all questions, as the Council reserves the
right not to ask organisations for any further information.
If you have any queries regarding the Supplier Questionnaire or any of
aspects of the pre-procurement market engagement please send your
enquiry using the Council's In-Tend system. Please note that all
queries must be submitted within the stated deadline (i.e. set out in
section 6.7 of this document).
Uploading Your Completed Supplier Questionnaire.
To participate in this pre-procurement market engagement, organisations
must submit their completed Supplier Questionnaire, together with any
supporting documents, through the In-Tend system by the return deadline
of 12:00 on 12.2.2016. Supplier Questionnaires cannot be uploaded after
the closing date/time.
Please make sure that you have submitted your Supplier Questionnaire
following the instructions above. The Council will not be held
accountable for any errors made by an organisation in submitting their
Supplier Questionnaire. Any clarifications regarding this opportunity
must be raised through the Correspondence area in the In-Tend system.
If you are experiencing problems, In-Tend offer a help section which
includes a dedicated UK Support Desk which can be contacted via email
[8]support@in-tend.com or telephone +44 (0)114 407 0065 for any website
/ technical questions (Monday to Friday 8:30 17:30).
VI.3)Information on general regulatory framework
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained
Tax legislation [9]http://www.hmrc.gov.uk/thelibrary/legislation.htm
Environmental protection legislation
[10]http://www.environment-agency.gov.uk
Employment protection and working conditions
[11]http://gov.uk/browse/working
VI.4)Date of dispatch of this notice:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor - PL-Bielsko-Biaa
Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor
Planungsleistungen im Bauwesen
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Architekturentwurf
Entwurfsunterstützungsdienste
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
Risiko- und Gefahrenabschätzung im Bau
Projektaufsicht und Dokumentation
Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
Dokument Nr...: 25973-2016 (ID: 2016012609180764759)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
PL-Bielsko-Biaa: Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor
2016/S 17/2016 25973
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Miasto Bielsko-Biaa Urzd Miejski w Bielsku-Biaej
pl. Ratuszowy 1
Zu Händen von: Jan Pacia, Naczelnik Wydziau Inwestycji
43-300 Bielsko-Biaa
POLEN
Telefon: +48 334971680
E-Mail: [4]inwest@um.bielsko.pl
Fax: +48 338227539
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.um.bielsko.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Urzd Miejski Wydzia Inwestycji
pl. Ratuszowy 7
Kontaktstelle(n): Wydzia Inwestycji
Zu Händen von: Szymon Matusiewicz
43-300 Bielsko-Biaa
POLEN
Telefon: +48 334971688
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Urzd Miejski
Wydzial Inwestycji
Plac Ratuszowy 7
Kontaktstelle(n): Wydzia Inwestycji
Zu Händen von: Szymon Matusiewicz
43-300 Bielsko-Biaa
POLEN
Telefon: +48 334971688
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90711300, 71320000, 71322000, 71240000, 71220000, 79933000, 71242000,
71313410, 71248000, 79421100
Beschreibung
Analyse von Umweltindikatoren in anderen Bereichen als dem Bausektor.
Planungsleistungen im Bauwesen.
Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
planungsbezogene Leistungen.
Architekturentwurf.
Entwurfsunterstützungsdienste.
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung.
Risiko- und Gefahrenabschätzung im Bau.
Projektaufsicht und Dokumentation.
Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 24.2.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:inwest@um.bielsko.pl?subject=TED
5. http://www.um.bielsko.pl/
OT: 26/01/2016 S17 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Bielsko-Biaa: Analiza wskaników ekologicznych innych ni
dotyczcych brany budowlanej
2016/S 017-025973
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Bielsko-Biaa Urzd Miejski w Bielsku-Biaej
pl. Ratuszowy 1
Osoba do kontaktów: Jan Pacia, Naczelnik Wydziau Inwestycji
43-300 Bielsko-Biaa
POLSKA
Tel.: +48 334971680
E-mail: [6]inwest@um.bielsko.pl
Faks: +48 338227539
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.um.bielsko.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Urzd Miejski Wydzia Inwestycji
pl. Ratuszowy 7
Punkt kontaktowy: Wydzia Inwestycji
Osoba do kontaktów: Szymon Matusiewicz
43-300 Bielsko-Biaa
POLSKA
Tel.: +48 334971688
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Urzd Miejski Wydzial Inwestycji
Plac Ratuszowy 7
Punkt kontaktowy: Wydzia Inwestycji
Osoba do kontaktów: Szymon Matusiewicz
43-300 Bielsko-Biaa
POLSKA
Tel.: +48 334971688
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania
terenu oraz na ich podstawie opracowanie penobranowej, kompletnej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz penienie nadzoru
autorskiego i przyrodniczego podczas realizacji projektu, w ramach
zadania inwestycyjnego pt. Rewitalizacja miejskich systemów
nadbrzenych w miecie Bielsko-Biaa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
technicznych; usugi bada i analiz technicznych
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Bielsko-Biaa.
Kod NUTS PL225,PL
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania
terenu oraz na ich podstawie opracowanie penobranowej, kompletnej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz penienie nadzoru
autorskiego i przyrodniczego podczas realizacji projektu, w ramach
zadania inwestycyjnego pt. Rewitalizacja miejskich systemów
nadbrzenych w miecie Bielsko-Biaa.
1. Nadbrzee potoku Straconka na odcinku od skrzyowania ulic:
ywieckiej i Górskiej
do kadki w okolicach ul. Chmurnej, (tj. skarpa) z wyczeniem czci
terenu objtego projektem Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceskich
etap II (szacunkowa powierzchnia ok. 35 567 m2, dugo ok. 2,5
km.).
2. Nadbrzee rzeki Biaej od granicy z Gmin Wilkowice do ulicy Bora
Komorowskiego (szacunkowa powierzchnia ok. 235 997 m2, dugo ok. 4,3
km).
3. Nadbrzee rzeki Wapienica na odcinku od mostu na ul. Tartacznej do
mostu na
ul. Cieszyskiej (szacunkowa powierzchnia ok. 192 703 m2, dugoci ok.
3,5 km).
4. Las Komunalny Cygaski Las oraz cz parkowa przy ul.
Olszówka/Pocztowa (szacunkowa powierzchnia ok. 4 474 201 m2).
5. Teren leniczówki przy ul. Ochota 24 (budowa nowego budynku o
powierzchni uytkowej ok. 250 m2 wraz z wydzieleniem czci lasu).
6. Zabytkowy budynek po byym przedszkolu przy ul. Grotowej 11 o
powierzchni uytkowej 668,98 m2 wraz z otaczajcym terenem czna
pow. 14 797 m2 (modernizacja
i adaptacja).
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90711300, 71320000, 71322000, 71240000, 71220000, 79933000, 71242000,
71313410, 71248000, 79421100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Szacunkowa warto bez VAT: 1 240 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 550 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz
Urzdu Miejskiego
w Bielsku-Biaej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biaa, w wysokoci
40 000 PLN (czterdzieci tysicy zotych), przed upywem terminu
skadania ofert.
Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postpowania
o udzielenie zamówienia.
W przypadku wadium wnoszonego przez konsorcjum w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, zaleca si aby w gwarancji wskazywa
wszystkich czonków konsorcjum.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawc bd dokonywane w walucie
polskiej.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
Porozumienie cywilno-prawne. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówie
publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy którzy
speni warunki dotyczce:
1.posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci,
jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania:zamawiajcy
nie wprowadza szczegóowych wymaga w tym zakresie
Sposób dokonywania oceny spenienia warunku: na podstawie owiadczenia
wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu,
2.Nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia:
1. na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówie publicznych
sposób dokonywania oceny spenienienia warunku: na podstawie
owiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia i dokumentów.
2.Nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
sposób dokonywania oceny spenienienia warunku: Wykonawcy, którzy
nalec do tej samej grupy kapitaowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007
o ochronie konkrecji i konsumentów, skadajc odrbne oferty w tym
samym powizania nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji
pomidzy wykonawcami w postpowaniu o udzielenie zamówienia.Sposób
dokonywania oceny spenienia warunku: na podstawie owiadczenia
wykonawcy o spenieniu warunków i dokumentów.Ocena spenienia warunków
bdzie polega na sprawdzeniu kompletnoci i poprawnoci zoonych
dokumentów i owiadcze wedug zasady spenia/nie spenia.
W celu wykazania spenienia warunku udziau w postpowaniu dotyczcego
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamówienia, w okolicznociach o których mowa art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
naley zoy:
1. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. Aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert.
3. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce,
e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub zawiadczenie, e
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
raty zalegych patnoci
lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu
wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo skadania ofert.
4. Aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega
z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub
potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci
lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu
wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania
ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiony nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiony nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiony nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. Jeeli,
w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11
ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w
odniesieniu do nich zawiadczenie waciwego organu sdowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych
osób w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu
skadania ofert,
z tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
si takich zawiadcze zastpuje si je dokumentem zawierajcym
owiadczenie zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym
albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunku udziau
w postepowaniu na zasoby innych podmiotów, które bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Czci VI
pkt III ppkt 2-7 skada:
1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajcy odpowiednio, e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci wystawiony
nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawiony nie wczeniej
ni 3 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert.
2. Zawiadczenie waciwego organu sdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz,
w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp
wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert.
Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w
pkt 1-2,
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym okrela
si take osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem odpowiednich
terminów.
w przypadku oferty skadanej przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si
o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzajce, e
wykonawca nie podlega wykluczneniu skada kady z wykonawców
oddzielnie.
W celu wykazania spenienia warunku udziau w postpowaniu dotyczcego
braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznociach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy
Pzp, wykonawca wraz z ofert winien zoy dokument zawierajcy:
1. list podmiot ow nalecych do tej samej grupy kapitaowej, w
rozumieniu ustawy z 16.2.20007 o ochronie konkurencji i konsumentów
albo
2. informacj o tym, e Wykonawca nie naley do grupy kapitaowej.
Uwaga: Wykonawcy, którzy nalec do tej samej grupy kapitaowej, w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkrecji i konsumentów,
zoyli odrbne oferty w tym samym powizania nie prowadz do
zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy wykonawcami w postpowaniu o
udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
a) posiadanie rodków finansowych lub zdolnoci kredytowej, na kwot
nie mniejsz
ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych);
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zwizanej z przedmiotem
zamówienia, na kwot nie mniejsz
ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych) bez limitu na poszczególne
zdarzenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
owiadczenia
o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
Wykonawc dokumentów.
1. Owiadczenie o spenieniu warunku udziau w postepowaniu
2. Informacja banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej,
potwierdzajca wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno
kredytow Wykonawcy, na kwot nie mniejszej ni 500 000 PLN (piset
tysicy z), wystawiona nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem
terminu skadania ofert.
Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu spenienia warunków udziau w
postpowaniu
na zdolno finansow innych podmiotów, przedkada informacj banku lub
spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, dotyczc podmiotu, z
którego zdolnoci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, potwierdzajc wysoko posiadanych przez ten podmiot
rodków finansowych lub jego zdolno kredytow wystawion nie
wczeniej
ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert.
3. Kopia opaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajcy,
e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia, na kwot
nie mniejsz
ni 500 000 PLN (piset tysicy zotych) bez limitu na poszczególne
zdarzenia.
W przypadku, gdy z treci polisy ubezpieczeniowej nie wynika fakt jej
opacenia, Wykonawca zobowizany jest doczy do oferty dowód
opacenia skadki ubezpieczeniowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tych warunków:
1) posiadania wiedzy i dowiadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
wykonanie w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upywem terminu
skadania ofert,
a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie,
co najmniej:
a) jednej (1) penobranowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o
podobnym charakterze, np.: (zagospodarowania terenów nadbrzenych, lub
rewitalizacji terenów nadbrzenych) o powierzchni min. 1 500 m2.
b) jednej (1) penobranowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie budowy budynku o pow. uytkowej min. 200 m2;
c) jednej (1) inwentaryzacji przyrodniczej terenu o powierzchni min. 1
500 m2.
d) jednego (1) studium wykonalnoci;
e) jednego (1) nadzoru przyrodniczego;
f) jednego (1) nadzoru autorskiego;
wraz z zaczeniem dowodów, e usugi zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie.
Zamawiajcy dopuszcza moliwo, aby spenienie warunku posiadania
wiedzy
i dowiadczenia Wykonawca wykaza na podstawie wykonania osobnych usug
lub w dowolnym ich poczeniu, z zastrzeeniem, e w kadym przypadku
musz zosta spenione wymagania dotyczce wartoci poszczególnych
usug z ich wyszczególnieniem oraz powierzchnia projektowanego budynku
musi wynosi nie mniej ni 200 m2.
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
owiadczenia
o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
Wykonawc dokumentów.
2) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym do wykonania
zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
owiadczenia Wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku:
Dysponowanie osobami posiadajcymi uprawnienia do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. w szczególnoci:
a) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnoci architektonicznej lub odpowiadajce im równowane
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeniej obowizujcych
przepisów, posiadajc
co najmniej 5-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie
budowlanych,
a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do
projektowania równowane do wyej wskazanych;
b) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnoci inynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadajce im
równowane uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeniej
obowizujcych przepisów, posiadajc co najmniej 5-letni sta pracy w
tym zakresie po uzyskaniu uprawnie budowlanych, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane
do projektowania równowane do wyej wskazanych;
c) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajce im równowane uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczeniej obowizujcych przepisów, posiadajc co najmniej
3-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie budowlanych, a
w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do
projektowania równowane do wyej wskazanych;
d) jedn (1) osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze
elektrycznych i energetycznych lub odpowiadajce im równowane
uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczeniej obowizujcych przepisów, posiadajc co
najmniej 3-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu uprawnie
budowlanych, a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia
budowlane do projektowania równowane do wyej wskazanych;
e) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie architektury krajobrazu lub równowane,
posiadajc co najmniej 5-letni sta pracy
w tym zakresie po uzyskaniu dyplomu, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej wskazanego;
f) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie inynierii rodowiska lub ochrony rodowiska, lub
równowane, posiadajc
co najmniej 5-letni sta pracy w tym zakresie po uzyskaniu dyplomu, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej
wskazanego;
g) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie biologii lub równowane, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej wskazanego;
h) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie ichtiologii lub równowane, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej
wskazanego;
i) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie lenictwa lub równowane, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej
wskazanego;
j) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie hydrologii lub równowane, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej
wskazanego;
k) jedn (1) osob posiadajc wyksztacenie wysze II stopnia
(magister) w zakresie hydrobiologii lub równowane, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych wyksztacenie równowane do wyej
wskazanego;
Zamawiajcy dopuszcza moliwo, aby spenienie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca potwierdzi na
podstawie dysponowania jedn (1) osob posiadajc max. 3 w/w
uprawnienia (wyksztacenie) i penic max. 3 funkcje.
Opis sposobu dokonywania oceny spenienia tego warunku: na podstawie
owiadczenia
o spenieniu warunków udziau w postpowaniu i przedstawionych przez
Wykonawc dokumentów
1. Owiadczenie (w oryginale) o spenieniu warunków udziau w
postpowaniu (w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówie publicznych
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
równie wykonywanych, usug (w oryginale) w zakresie niezbdnym do
wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia
w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich wartoci, powierzchni, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których usugi zostay wykonane
3. Dowody potwierdzajce, e usugi wymienione w w/w wykazie (zgodnie z
pkt 2) zostay wykonane lub s wykonywane naleycie. Dowodami s:
powiadczenie, z tym, e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
okresowych
lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni na 3
miesice
przed upywem terminu skadania ofert,
owiadczenie Wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa powyej.
W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane
w wykazie, o którym, mowa w punkcie 2, zostay wczeniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowizku przedkadania dowodów.
4. Wykaz osób (w oryginale), które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia,
w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jako,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia
i wyksztacenia niezbdnych
do wykonana zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie
czynnoci,
oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami
5. Owiadczenia (w oryginale) potwierdzajce, e osoby, które bd
uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymaganie uprawnienia,
jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena wykonania zamówienia. Waga 90
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
IN.III.271.1.1.2016.SM
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
do dokumentów: 24.2.2016
Dokumenty odpatne: tak
Poda cen: 20 PLN
Warunki i sposób patnoci: Patne w kasie Urzedu Miejskiego w
Bielsku-Biaej, pl. Ratuszowy 6.
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
1.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.3.2016 - 12:00
Miejscowo:
Bielsko-Biaa, pl. Ratuszowy 7, Wydzia Inwestycji II pitro pok. 21
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: tak
Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2014-2020
(dalej: RPO WSL 2014-2020).
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Pisemne zobowizanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia, w celu udowodnienia,
i Wykonawca bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia
w przypadku, gdy Wykonawca wskae, e bdzie polega na wiedzy i
dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnociach ekonomicznych lub finansowych innych
podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)
Tre zobowizania innego podmiotu powinna jednoznacznie wskazywa na
zakres zobowizania tego podmiotu, okrela czego konkretnie dotyczy
zobowizanie
oraz w jaki sposób bdzie ono wykonywane i w jakim okresie.
2. Owiadczenie Wykonawcy (na formularzu Oferta:
zwizaniu ofert przez okres 60 dni;
zdobyciu informacji koniecznych do sporzdzenia oferty;
ü-zapoznaniu si z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami i przyjciu tych
warunków bez zastrzee;
terminie wykonania przedmiotu zamówienia;
zobowizaniu si do zawarcia umowy na warunkach okrelonych we Wzorze
umowy.
3. Penomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców
ubiegajcych si wspólnie (konsorcja, spóki cywilne) o przedmiotowe
zamówienie, okrelajce zakres udzielonego penomocnictwa (penomocnik
winien by powoany przez wszystkich Wykonawców ubiegajcych si
wspólnie o zamówienie);
4. Upowanienie (penomocnictwo) do podpisania oferty, doczone do
oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Penomocnictwo naley doczy w oryginale bd kopii, potwierdzonej za
zgodno z oryginaem;
5. Istotne postanowienia umowy:
a). Zmiana nin. umowy moe nastpi w nastpujcych przypadkach:
1) opisanych w poprzedzajcych paragrafach nin. umowy,
2) co do nieistotnych postanowie nin. umowy,
3) co do istotnych postanowie nin. umowy, z wanych powodów, a w
szczególnoci,
o ile jest ona konieczna i wynika z okolicznoci, których nie mona
byo przewidzie
w chwili zawarcia nin. umowy.
b). Wpyw warunków atmosferycznych na wykonywanie usugi, który
naleao wzi
pod uwag podczas zawierania nin. umowy oraz strajk pracowników
i/lub podwykonawców, nie bd uznawane przez Zamawiajcego za
okolicznoci siy wyszej.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587800
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Wykonawcy,
a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub mia interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniós lub moe ponie szkod w wyniku
naruszenia przez zamawiajcego przepisów ustawy Prawo zamówie
publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy
z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.) przysuguje odwoanie wycznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest
zobowizany na podstawie ustawy.
2. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
Zamawiajcego,
której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy Pzp, zawiera
zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz wskazywa
okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwoania.
3. Odwoanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
z jego treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i
Zamawiajcy móg zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu
do jego wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed
upywem terminu
do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w art. 27
ust. 2.
5. Odwoanie wnosi si:
a) w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli informacje
zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
w terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny sposób;
b) wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a take wobec postanowie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej;
c) wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt. 6 a) i b) odwoanie
wnosi si w terminie
10 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej
starannoci mona byo powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych
podstaw jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwoania wobec treci ogoszenia o
zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiajcy moe przeduy termin skadania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwoania po upywie terminu skadania ofert
bieg terminu zwizania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogoszenia
przez Krajow Izb Odwoawcz orzeczenia.
9. Szczegóowe przepisy dotyczce rodków ochrony prawnej zawarte s w
Dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
10. W sprawach nieuregulowanych nin. Specyfikacj Istotnych Warunków
Zamówienia maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587800
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bewachungsdienste - RO-Galati
Bewachungsdienste
Dokument Nr...: 26073-2016 (ID: 2016012609194064865)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
RO-Galati: Bewachungsdienste
2016/S 17/2016 26073
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
SC Gospodarire Urbana SRL
Str. Traian nr. 246
Zu Händen von: Aurelia Stoian, Andreea Stoica
800186 Galati
RUMÄNIEN
Telefon: +40 0236477102
E-Mail: [4]sp_adpgalati@yahoo.com
Fax: +40 0236477102
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79713000
Beschreibung
Bewachungsdienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 26.2.2016 - 13:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
29.2.2016 - 09:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Rumänisch.
References
4. mailto:sp_adpgalati@yahoo.com?subject=TED
5. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 26/01/2016 S17 - - Servicii - Anun de participare - licitaie
deschis
România-Galati: Servicii de paz
2016/S 017-026073
Anun de participare
Servicii
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
SC Gospodarire Urbana SRL
Str. Traian nr. 246
În atenia: Aurelia Stoian, Andreea Stoica
800186 Galati
ROMÂNIA
Telefon: +40 0236477102
E-mail: [6]sp_adpgalati@yahoo.com
Fax: +40 0236477102
Adres (adrese) Internet:
Adresa profilului cumprtorului: [7]www.e-licitatie.ro
Alte informaii pot fi obinute de la: Punctul (punctele) de contact
menionat(e) anterior
Caietul de sarcini i documente suplimentare (inclusiv documentele
pentru dialog competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi
obinute de la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul
(punctele) de contact menionat(e) anterior
I.2)Tipul autoritii contractante
Altele: societate de administrare, intretinere si exploatare a
domeniului public al municipiului Galati
I.3)Activitate principal
Altele: servicii de administrare, intretinere si exploatare a
domeniului public al municipiului Galati
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului de autoritatea contractant:
Acord cadru de servicii de paza si protectie a obiectivelor aflate in
administrarea Gospodarire Urbana SRL 2016-2017.
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 23: Servicii de investigaie i protecie, cu
excepia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Municipiul Galati.
Cod NUTS RO224
II.1.3)Informaii privind contractul de achiziii publice,
acordul-cadru sau sistemul de achiziie dinamic (SAD)
Anunul implic încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informaii privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 12
Valoarea total estimat a achiziiilor pentru întreaga durat a
acordului-cadru
Valoarea estimat fr TVA:
Intervalul: între 298 417,68 i 1 046 557,20 RON
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite:
Primul contract subsecvent se va incheia in luna mai 2016, al doilea
contract subsecvent in luna septembrie 2016, iar al treilea in luna
decembrie 2016.
II.1.5)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Acord cadru de prestare de servicii de paza si protectie pentru
obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
Galati: minimum 32.472 ore de prestare maximum 113.880 ore de
prestare, in perioada 1.5.2016 30.4.2017.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
79713000
II.1.7)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împrit în loturi: nu
II.1.9)Informaii privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea total sau domeniul:
Acord cadru de prestare de servicii de paza si protectie pentru
obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
Galati: minimum 32.472 ore de prestare maximum 113.880 ore de
prestare, in perioada 1.5.2016 30.4.2017.
Autoritatea contractanta preconizeaza atribuirea urmatoarelor
contracte, subsecvente acordului-cadru de servicii de paza si protectie
care se vor incheia, dupa cum urmeaza:
a) primul contract subsecvent se va incheia in perioada 1.5.
31.8.2016, rezultand urmatoarele cantitati estimative:
o Minimum (fara posturile de rezerva): 123 zile x 264 ore de
prestare/zi = 32 472 ore de prestare = 298 417,68 RON, fara TVA;
o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva de 24 ore): 123 zile
x 312 ore de prestare/zi = 38.376 ore de prestare = 352 675,44 RON,
fara TVA
b) al doilea contract subsecvent se va incheia in perioada 1.9.
31.12.2016 rezultand urmatoarele cantitati estimative:
o Minimum (fara posturile de rezerva): 122 zile x 264 ore de
prestare/zi = 32 208 ore de prestare = 295 991,52 RON, fara TVA;
o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva de 24 ore): 122 zile
x 312 ore de prestare/zi = 38 064 ore de prestare = 349 808,16 RON,
fara TVA;
c) al treilea contract subsecvent se va incheia in perioada 1.1.
30.4.2017 rezultand urmatoarele cantitati estimative:
o Minimum (fara posturile de rezerva): 120 zile x 264 ore de
prestare/zi = 31 680 ore de prestare = 291 139,20 RON, fara TVA
o Maximum (cu includerea a 2 posturi de rezerva): 120 zile x 312 ore
de prestare/zi = 37 440 ore de prestare = 344 073,60 RON, fara TVA.
Cantitati minime si maxime care, in temeiul art. 66 lit. f) din HG nr.
925/2006, pot face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul
subsecvent nr. I: Min. 32 472 ore de prestare max. 38 376 ore de
prestare.
Mentiune:
Pentru determinarea pretului unitar estimat/ora de prestare si
implicit, a valorii estimate a acordului-cadru, autoritatea
contractanta a avut in vedere prevederile HG nr. 1017/30.12.2015
privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in
plata (recte, 1 250 RON, incepand cu data 1.5.2016), preturile
prestatorilor de servicii de paza si protectie, din catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari, afisate in SEAP incepand cu
luna septembrie 2015 (in cursul careia a fost publicata Legea nr.
227/2015 privind codul fiscal) precum si pretul contractat de catre
autoritatea contractanta pentru serviciile de paza in cursul anului
2015.
Valoarea estimat fr TVA:
Intervalul: între 298 417,68 i 1 046 557,20 RON
II.2.2)Informaii privind opiunile
Opiuni: nu
II.2.3)Informaii privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
Seciunea III: Informaii juridice, economice, financiare i tehnice
III.1)Condiii referitoare la contract
III.1.1)Depozite i garanii solicitate:
1. Cuantumul garantiei de participare: 20 930 RON.
2. Perioada de valabilitate: cel putin 180 zile de la data termenului
limita de depunere a ofertei.
3. Garantia constituita de catre ofertantul incadrat in categoria
IMM-urilor, va fi admisa in cuantum de 50 % fata de suma solicitata,
daca ofertantul va completa Declaratia de incadrare in categoria
IMM-urilor conform formular; sunt considerati ofertanti tip IMM acei
ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de IMM.
Daca ofertantii opteaza pentru constituirea garantiei de participare in
valuta se va avea in vedere echivalenta leu/alta valuta comunicata de
BNR, la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
4. Modul de constituire: virament bancar; depunerea la casierie a unui
OP/fila cec, cu conditia confirmarii acestora de banca pâna la data
deschiderii ofertelor in contul RO98RZBR0000060012910105 Raiffeisen
Bank, cod fiscal RO27413181; printr-un instrument de garantare emis
conform legii, avand perioada de valabilitate, cel putin egala cu
oferta,emis în favoarea achizitorului, conform formular
Scrisoare/instrument de garantare eliberat de o banca/societate de
asigurari, de preferabil cu sediul in Romania sau care sa aiba
corespondent in Romania, prezentata in original. Instrumentul de
garantare, eliberat de o banca/societate de asigurari din strainatate
va fi prezentat în original, va fi însotit de traducerea legalizata si
autorizata în limba româna. In orice situatie, dovada constituirii
garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la
data si ora stabilite pentru deschiderea ofertei. Cuantumul garantiei
de buna executie 5 % din valoarea, fara TVA, a fiecarui contract
subsecvent care se va atribui; forma de constituire -instrument de
garantare, care devine anexa la contract, emis in conditiile legii de o
societate bancara ori de asigurari, preferabil din Romania sau care sa
aiba corespondent in Romania, care se prezinta in original; Garantia
constituita de contractantul incadrat conform Legii 346/2004, in
categoria IMM, va fi admisa in cuantum de 50 % fata de suma solicitata.
Eliberarea garantiei de buna-executie:se face cf. art. 92 alin. 2 din
HG 925/2006 cu modif. si compl. uterioare. AC-ul are dreptul de a emite
pretentii asupra garantiei de buna-executie, in limita prejudiciului
creat, daca furnizorul nu isi executa/executa cu intarziere/executa
necorespunzator obligatiile asumate prin contr. subscv. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna-executie, AC are
oblig. de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2)Principalele condiii de finanare i modaliti de plat
i/sau trimitere la dispoziiile relevante care le reglementeaz:
Buget propriu.
III.1.3)Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici
cruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiii speciale
Executarea contractului este supus unor condiii speciale: nu
III.2)Condiii de participare
III.2.1)Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele
referitoare la înscrierea în registrul comerului sau al profesiei
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor: a) Completare Formular Declaratie pe propria raspundere
privind neincadrarea în dispozitiile articolului 180 din Ordonanta -În
cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar
si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare
sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei;
b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea în
dispozitiile articolului 181 din Ordonanta completare Formular În
cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia
de a demonstra indeplinirea ceriintei iar, in cazul in care, oferta
este sustinuta de catre un tert, acesta va prezenta o declaratie
privind neincadrarea in prevederile art. 181, doar pentru lit. a), c^1)
si d) din OUG nr. 34/2006)
c) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor
exigibile de plata (taxe si impozite catre stat cat si locale)
formulare tip emise de catre autoritatile competente, din care sa
reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a
ofertelor,în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul. Facem precizarea ca, in masura in care procedura
de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o
declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr.
925/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 alin 4 din
HG 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria
raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, atunci
inseamna ca devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul
nr. 509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in
considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind
plata de catre ofertant a taxelor, contributiilor, impozitelor de stat
si respectiv, locale, atat declaratia pe propria raspundere prin care
se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare
fiscala prezentate de catre ofertant, in termen de 3 zile lucratoare
care curg de la solicitarea autoritatii contractante, chiar daca
acestea sunt emise de catre autoritati competente ulterior datei de
deschidere a ofertelor, si eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior
datei respective.
Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare
(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care
sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor catre buget. In cazul in care in tara de
origine sau rezidenta nu se elibereaza astfel de certificate,
ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau o
declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competenta in acest sens. Documentele emise de catre autoritatile
abilitate trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente in
luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere
a ofertelor.
Nota: cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat
inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care
s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea
contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul
economic care inregistreaza datorii la bugetul general consolidat,
precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).
d) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
completare Formular;
e) Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile
articolului 69^1-completare Formular(persoanele cu functii de decizie
din cadrul autoritatii contractante) in ceea ce priveste aceasta
procedura sunt: Vrabie Tincuta; Bacalum Silviu; Popa Tincuta; Simion
Ionita; Grecu Sorin; Serban Ecaterina-Lidia; Borcea Ionel; Bogean
Octaviana-Carmen; Tinca Podaru; Secuianu Dorian-Paul; Topala
Razvan-Ciprian; Bocaneala Iulian-Marius; Marilena Calieanu; Constantin
Constanta; Adrian Serghe; Aurelia Stoian; Stoica Andreea-Camelia; Radu
Maria-Magdalena; Elena-Corina Lascu; Doinita-Duduta Scutarasu; Dima
Mihai-Iulian; Camelia Melinte; Daniela Nicolae, Eugen Oprea, Alina
Nitu, Brudiu Gabriela-Gianina. Daca este cazul,subcontractantul cat si
tertul sustinator si de asemenea, ofertantul asociat va completa
declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1.
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care
are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea, inclusiv
sau care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de
decizie in cadrul AC-ului este exclus din procedura de atribuire. a)
Certificat constatator emis de catre Oficiul Nationala al Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte:
adresa actuala si obiectul de activitate principal precum si cele
secundare ale persoanei juridice, in original /in copie legalizata/ in
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Se solicita ca
obiectul contractului sa aiba corespondent pentru codul CAEN din
Certificatul constatator emis de ONRC, conf. Ordin nr. 509/2011. In
cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prez. certif.
constatator in copie lizibila,insotita de mentiuneaconform cu
originalul,i se va solicita prezentarea acestui document in
original/copie legalizata. Persoanele juridice straine vor prezenta
documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca
persoana juridica, traduse in limba romana -original/copie
legalizata/copie lizibila insotita de mentiuneaconform cu originalul.
Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa
desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac
obiectul prezentei achizitii.
b) Licenta de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al
politiei Romane/Inspectoratul Judetean de politie, cu avizul prealabil
al Serviciului Roman de Informatii, valabila la data deschiderii
ofertelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, art. 19
alin. (2) operatorul economic va prezenta licenta de functionare
pentru desfasurarea activitatilor de paza, protectie copie
certificata sau copie simpla cu mentiunea conform cu originalul. In
cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna,
cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati
respectiv, subcontractantul, daca este cazul detine autorizatia
solicitata si numai cu condita ca acesta sa execute integral partea din
contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Tertul nu
poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizari, un operator
economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se
poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
art. 7 alin. (1) si (2) din Ordinul nr. 509/2011.
c) Avizul pentru conducatorii societatii de paza din partea
Inspectoratului General al Politiei Romane/Inspectoratul Judetean de
Politie in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea
respectiva sau al Directiei Generale de Politie a municipiului
Bucuresti, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003,
art. 19 alin. (9) se vor prezenta avizele pentru toti conducatorii
societatii copie certificata sau copie simpla cu mentiunea conform
cu originalul. In cazul unei oferte comune se vor prezenta avizele
pentru conducatorii tuturor societatilor asociate cat si avizele pentru
conducatorii subcontractantilor.
d) Autorizatie/Certificat penru detinere de armament cu munitie
neletala, valabila la data deschiderii ofertelor, eliberata de catre
Inspectoratul judetean de Politie, in temeiul Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor si al munitiilor operatorul economic va
prezenta copie certificata sau copie simpla cu mentiunea conform cu
originalul de pe aceasta. In cazul in care un grup de operatori
economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata
indeplinita daca unul dintre asociati respectiv, subcontractantul,
daca este cazul- detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca
acesta sa execute integral partea din contract pentru care este
solicitata aceasta autorizare.
Precizari suplimentare:
1. Reiteram faptul ca, in cazul unei oferte comune, in masura in care
autorizatiile sunt solicitate de catre autoritatea contractanta, la
criteriul de calificare capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale, aceasta conditie este indeplinita daca unul dintre
asociati respectiv, subcontractantul, daca este cazul detine
autorizatia solicitata si numai cu condita ca acesta sa execute
integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea
respectiva. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de
autorizari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest
gent de autorizare se poate utiliza in nume numai propriu, nefiind o
resursa transferabila. art. 7 alin. (1) si (2) din Ordinul nr.
509/2011;
2. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta
nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba
în care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în
limba româna. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat
în clar numele întreg al persoanei semnatare;
3. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu
originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in
cauza.
4. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar
numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari. Daca
exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic,
autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de
la autoritatile competente.
III.2.2)Capacitatea economic i financiar
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor: Informatii privind situatia economico-financiara
Declararea cifrei de afaceri medii anuale globale anuale pe ultimii 3
ani (2015, 2014 si 2013) cel putin egala cu suma de 705 350 RON.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/EUR
comunicat de catre BNR pentru fiecare an in parte si anume, 2015 1
EUR = 4,4450 RON, 2014 1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013 1 EUR =
4,4190 RON.
Nota: in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul;
Nota: in cazul in care ofertantul apeleaza la sustinerea unui sau a
multor terti, aceasta conditie, a cifrei de afaceri, trebuie
indeplinita in intregime de catre un singur tert, tinand cont de faptul
ca cifra de afaceri este o resursa netransferabila.
Nota: Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform
art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 beneficiaza de o reducere cu
50 % a valorii cifrei de afaceri.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se solicita:
Fisa de informatii generale despre ofertant cu declararea mediei
cifrei de afaceri globale anuale in ultimii 3 ani;
Bilantul contabil /extras din bilant din ultimii 3 ani si anume,
2015, 2014 si 2013, vizate si inregistrate la organele competente
si/sau alte documentele legale edificatoare prin care ofertantul isi
poate dovedi indeplinirea media cifrei de afaceri globale anuale impuse
in ultimii 3 ani in original, copie legalizata sau copie lizibila
certificata conform cu originalul semnata si stampilata. Operatorul
economic poate prezenta orice alt document, in masura in care acesta
reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si din
motive temeinic justificate nu pot prezenta bilanturile contabile,
conform art. 185 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.
Nota: in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest formular, conditia fiind indeplinita prin cumul;
Nota: in cazul in care ofertantul apeleaza la sustinerea unui sau a
multor terti, aceasta conditie trebuie indeplinita in intregime de
catre un singur tert, tinand cont de faptul ca cifra de afaceri este o
resursa netransferabila.
Nota: Pentru persoanele juridice straine se accepta in cazul in care
publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de catre legislatia
tarii in care este stabilit ofertantul prezentarea oricaror documente
edificatoare prin care acesta isi poate dovedi indeplinirea mediei
cifrei de afaceri globale anuale impuse in original, copie legalizata
sau copie lizibila certificata conform cu originalul semnata si
stampilata.
Nota: Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM-urilor, conform
art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 beneficiaza de o reducere cu
50 % a valorii cifrei de afaceri.
III.2.3)Capacitatea tehnic
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor:
Cerinta 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana
la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de
prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati.
Nota: Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere
cursul mediu anual comunicat de catre BNR si anume, 2015 1 EUR =
4,4450 RON, 2014 1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013 1 EUR = 4,4190
RON.
Cerinta 2
Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de catre ofertant a
prestarii, in ultimii 3 ani, de servicii similare obiectului prezentei
proceduri in cadrul unuia sau a maximum 2 contract (e) a carui/a caror
valoare cumulata sa fie de minimum 352 000 RON.
Ofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul
certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca a prestat servicii
similare care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
Nota:
1) Se vor lua in consideratie numai serviciile prestate si duse la bun
sfarsit in aceasta perioada;
2) Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere cursul
mediu anual comunicat de catre BNR, recte, 2015 1 EUR = 4,4450 RON,
2014 1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013 1 EUR = 4,4190 RON.
3) Documentele prin care ofertantul isi va dovedi experienta similara
trebuie sa faca referire la servicii prestate in ultimii 3 ani,
calculati de la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care certificatele/documentele care confirma experienta
similara sunt emise în alta limba decât româna, acestea vor fi
transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a
acestora în limba româna.
Nota: in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive
obiective, ofertantul nu poate obtine o confirmare din partea acestuia,
atunci el poate prezenta o declaratie sau orice alt document pe propria
raspundere.
Cerinta 3
Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat din care sa
rezulte resursele de personal de care dispune operatorul economic.
Declaratia va cuprinde:
efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani
(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cu
evidentierea personalului de conducere responsabil pentru indeplinirea
acordului-cadru, pentru care ofertantul va anexa CV-urile acestora;
referirea, pe propria raspundere a conducatorului
societatii/liderului asocietiei, dupa caz, din care sa rezulte ca
personalul de paza ce va fi folosit in cadrul acordului-cadru cu
societatea Gospodarire Urbana SRL Galati, inclusiv cel provenind de la
subcontractanti, daca este cazul, va indeplini toate conditiile de
aptitudine fizica si psihica, agentii de paza trebuind sa aiba
obligatoriu certificat de absolvire a cursului de calificare
profesionala, analize medicale, testare psihologica, dupa caz.
Cerinta 4
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice, din care sa rezulte ca sunt suficiente pentru indeplinirea
corespunzatoare a acordului-cadru. Se va stipula expres ca operatorul
economic poate asigura (din dotarea proprie si/sau prin contracte sau
conventii de inchiriere, etc) acele echipamente, mijloace fixe si
dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea
acordului-cadru de servicii. De asemenea, din declaratie trebuie sa
rezulte si faptul ca operatorul economic dispune de:
Echiparea si dotarea personalului de paza cu uniforma, insemne
distinctive in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, Se va
prezenta inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
(OSIM) cu modelul de uniforma si lista cu echipamentul de protectie a
agentilor de paza atat pentru personalul propriu, cat si personalul
apartinand celorlalti asociati sau a subcontractantilor desemnati care
vor fi utilizati la prestarea serviciilor, dupa caz.
echipe mobile de interventie rapida la nivelul municipiului Galati,
dotate cu cel putin 2 agenti de paza care pot sa acopere toate
obiectivele aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL
Galati. Autoturismele trebuie sa fie inmatriculate;
Dispecerat de monitorizare care sa acopere obiectivele administrate
de catre Gospodarire Urbana SRL din municipiul Galati. Dispeceratul
trebuie sa fie avizat de catre Inspectoratul General al
Politiei/Inspectoratul Judetean de Politie, dupa caz. In cazul
asocierii cu alte societati sau in cazul subcontractantilor desemnati,
se vor prezenta avizele acestora. In cazul inchirierii de dispecerate
zonale de la alte societati, se vor prezenta in copie certificata cu
mentiunea conform cu originalul, contractele si avizele acestora,
valabile si emise de catre IGPR teritorial.
Cerinta 5
Declaratie privind partea/partile din contract care, eventual, se
intentioneaza a se subcontracta
Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din OUG nr.
34/2006, subcontractantul/subcontractantii implicati in procedura, vor
completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea
in prevederile ar. 69^1 din ordonanta, indicand denumirea, sediul, nr.
de inmatriculare de la ONRC, CUI. Resursele materiale si umane ale
subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de
implicare in acordul-cadru/contractul ce urmeaza a fi indeplinit
Certificat in sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau
echivalent copie simpla certificata conform cu originalul semnata
si stampilata de catre operatorul economic, de pe documentele emise de
catre organismele independente care atesta implementarea, mentinerea si
respectarea sistemul de management al calitatii in domeniul supus
achizitiei, recte ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita
de depunere a ofertelor.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune
aceste oferte.
Nota: Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu
poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Certificat in sistemul managemetului mediului ISO 14001 sau echivalent
copie simpla certificata conform cu originalul semnata si
stampilata de catre operatorul economic, de pe documentele emise de
catre organismele independente care atesta implementarea, mentinerea si
respectarea sistemul de management al mediului in domeniul supus
achizitiei, recte ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita
de depunere a ofertelor.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare operator economic va depune
aceste oferte.
Nota: Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu
poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Prezentarea Formular Declaratie privind Lista principalelor prestari
de servicii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere
a ofertelor).
Se soliciata:
Formular Experienta similara;
copii lizibile conform cu originalul de pe
certificate/contracte/orice alte documente emise sau contrasemnate de
catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte
executarea la nivelul unui contract maximum 2 contracte de servicii
similare obiectului prezentei proceduri de atribuire, (e) a carui/a
caror valoare cumulata sa fie de minimum 352 000 RON.
Ofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul
certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca a prestat servicii
similare care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
Nota:
1) Se vor lua in consideratie numai serviciile prestate si duse la bun
sfarsit in aceasta perioada;
2) Mentionam ca pentru echivalenta lei/euro se va avea in vedere cursul
mediu anual comunicat de catre BNR, recte, 2015 1 EUR = 4,4450 RON,
2014 1 EUR = 4,4446 si respectiv, 2013 1 EUR = 4,4190 RON.
3) Documentele prin care ofertantul isi va dovedi experienta similara
trebuie sa faca referire la servicii prestate in ultimii 3 ani,
calculati de la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care certificatele/documentele care confirma experienta
similara sunt emise în alta limba decât româna, acestea vor fi
transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a
acestora în limba româna.
Nota: in cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive
obiective, ofertantul nu poate obtine o confirmare din partea acestuia,
atunci el poate prezenta o declaratie sau orice alt document pe propria
raspundere.
Prezentare Formular Declaratie privind numarul mediu al personalului
angajat, care trebuie sa cuprinda referirea, pe propria raspundere a
conducatorului societatii ofertante/liderului asociatiei, din care sa
rezulta ca personalul de paza ce va fi folosit in cadrul
acordului-cadru cu societatea Gospodarire Urbana SRL Galati, inclusiv
cel provenind de la subcontractanti, daca este cazul, va indeplini
toate conditiile de aptitudine fizica si psihica agentii de paza,
trebuind sa aiba obligatoriu certificat de absolvire a cursului de
calificare profesionala, analize medicale, testare psihologica, dupa
caz.
Se solicita:
formular Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice;
Copia certificatelor de inmatriculare a fiecarui autovehicul (unitate
mobila de interventie) mentionat in declaratie;
Fotografii cu insemnele distinctive si inregistrarea la Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci, cu modelul de uniforma si lista cu
echipamentul de protectie a agentilor de paza, atat pentru personalul
propriu, cat si personalul apartinand celorlalti asociati sau a
subcontractantilor desemnati care vor fi utilizati la prestarea
serviciilor, dupa caz.
Avizul favorabil/aprobarea emisa de catre IGP/IJP pentru dispeceratul
de monitorizare de pe raza municipiului Galati.
Prezentare formular Declaratie privind partea/partile din contract
indeplinite de catre subcontractanti, daca este cazul.
Prezentare formular emis de catre autoritatile competente copie
legalizata sau copie simpla cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.4)Informaii privind contractele rezervate
III.3)Condiii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informaii privind o anumit profesie
Prestarea serviciilor în cauz este rezervat unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective: nu
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschis
IV.1.2)Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte
oferte sau s participe
IV.1.3)Reducerea numrului de operatori economici în timpul negocierii
sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
Se va organiza o licitaie electronic: da
Informaii suplimentare despre licitaia electronic: Autoritatea
contractanta va invita, prin intermediul SEAP, toti ofertantii care au
depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.
Obiectul procesului repetitiv: pretul, fara TVA/cantitatea maximala de
ore de prestare.
Eventualele limite ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit
pretul ofertei: nu exista limite, cu respectarea prevederilor art. 202
din OUG nr. 34/2006.
Informatii la care au accest ofertantii in timpul etapei finale de
licitatie electronica:
ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;
Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie:
da;
Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului:
nu;
Se va utiliza pasul de licitatie: nu.
Etapa finala se desfasoara intr-o singura runda cu durata de 1 (una)
zi, cara va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la data transmiterii
invitatiei de participare catre toti ofertantii care au depus oferte
admisibile.
Tuturor ofertantilor care si-au imbunatatit propunerea financiara in
cadrul etapei finale de licitatie electronica, le incumba obligatia de
a depune, in original, la registratura autoritatii contractante, in
termen de maximum 3 zile lucratoare, oferta financiara cu noul pret
rezultat din SEAP. In cazul in care un ofertant nu modifica in cadrul
etapei finale de licitatie electronica elementele ofertei care fac
obiectul procesului repetitiv, la clasamentul final este luata in
considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei
etape, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea
contractanta.
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant:
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
nu
IV.3.3)Condiii de obinere a caietului de sarcini i a documentelor
suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limit pentru primirea cererilor de documente sau de acces la
documente: 26.2.2016 - 13:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare
29.2.2016 - 09:00
IV.3.5)Data expedierii invitaiilor de prezentare de oferte sau de
participare ctre candidaii selectai
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactat oferta sau cererea
de participare
român.
IV.3.7)Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s îi
menin oferta
în zile: 180 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiii de deschidere a ofertelor
Data: 29.2.2016 - 11:00
Locul:
Mun. Galati, strada Traian nr. 246.
Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: da
Informaii suplimentare despre persoanele autorizate i procedura de
deschidere: Reprezentantii ofertantilor care trebuie sa posede asupra
lor imputernicire si copie de pe actul de identitate.
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii privind periodicitatea
Aceast achiziie este periodic: nu
VI.2)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informaii suplimentare
1. Op. ec. indif. de forma de particip(ofertant/asociat/subcontr./tert
sust.) compl. Decl. privind cal. de particip la proc.;
2. Ofertele dep. dupa data limita vor fi decl. întârziate si returnate
nedesch.
3. Posib. retragerii sau modif. ofertei: Orice ofertant are dreptul de
a-si modif./retrage oferta numai inainte de data lim. stab. ptr. dep.
of., printr-o solic. scrisa. Daca ofertantul doreste sa modif. oferta
depusa, el are oblig. de a asig. primirea si inregistr. modificarii
resp. de AC pana la data lim. pt. dep. ofer. Pt. a fi consid. parte a
ofer, modific. trebuie prez. in cf. cu preved. de mai sus cu oblig. ca
pe plicul ext. sa se marcheze si inscriptia modificari ale ofertei.
4. Deschiderea of.:Ofer. se vor desch. la sediul postal al AC, la
data+ora din anuntul de part. Orice ofertant are drpt. de a partic. la
desch. ofertelor. În sedinta de desch. Nu se analiz. niciun doc.Analiza
doc. de calif. si a ofer. se face într-o sed. ulterioara.
5. Eval. ofertelor: Respingere ofer.:a)În cadrul sed. de desch. se
resping ofer. care se afla într-una din urm. sit.: a. 1 au fost dep.
dupa data+ora limita de dep./la alta adresa decât cea stab. în anuntul
de part.; a. 2 nu sunt însotite de gar. de particip. astfel cum a fost
solic. în Fisa de date;
b) În etapa de eval. a ofer. vor fi respinse ofer. inaccept. si
neconforme.
c) Departajarea ofer. clasate pe loc 1 cu preturi egale: daca in urma
desf. fazei finale de LE, se constata ca exista oferte cu preturi
egale, clasate pe loc I, atunci AC va solicita reofer. in plic
inchis,in ved. departajarii ofrt., cf. crit. de atribuire-pretul cel
mai scazut. Asocierea fiecare asociat va prez. propriul dosar
cuprinz. doc. de calif. ptr. partea sa de implicare cf. Anexa2-Ord.
ANRMAP 509/2011: indepl. cerintelor min. priv. capacit. tehn. si
profes. se demonst. prin luarea in consid. a resurselor tuturor membr.
grupului cf. OUG 34/2006, art. 190 alin. 3; pt. indepl. Oblig. prev. la
art. 66 OUG 34/2006,asociatii implicati in proc., vor compl. o decl. pe
pr. rasp. cu priv. la neincadr. in preved. art. 69^1 OUG. Totodata, se
solic. membr. asoc. sa nu se incadr. in preved. art. 180+181 OUG
34/2006. Info. priv. tertul sustinator ec. si fin.-daca ofertantul isi
demonstr. sit. ec. si fin. invocand si sust. acordata de un tert (art.
186 OUG 34/2006) at. acesta are oblig. de a dovedi sust. de care
beneficiaza prin compl. si prezent. unui angaj. ferm al pers. resp.,
prin care confirma ca va pune la disp. ofertantului, in speta,
resursele fin. invocate. Pers. fiz./jur. care asig. sust. fin. nu
trebuie sa fie in sit. ce determ. excl. din proced. conf. art. 180+181
lit. a), c1) si d) si art. 69^1 OUG 34/2006 se va compl. Form.
Angaj. priv. sust. fin. a ofertantului/candid./grp. de op. ec., insotit
de fisa info. Gen. in care este decl. media CA globale anuale (MCAGA)
ultimii 3 ani si de bilant contabil/extrase din bilant vizate + inrg.
la organele competente si/sau alte doc. legale edif. prin care
ofertantul isi poate dov. indepl. MCAGA impuse in ult. 3 ani in
orig./copie legaliz./copie lizibila certific. conform cu originalul
semnata+stampilata. Info. priv. tertul sust. tehnic si profesional-in
sit. in care ofertantul isi dem. cap. tehn. si profes. invocand si
sust. acordata de catre o alta prs. fiz./jur. (cf. art. 190 OUG
34/2006), at. el are oblig. de a dov. sust. de care beneficiaza prin
compl. si prez. unui angajam. ferm al pers. resp., prin care confir. ca
va pune la disp. ofertantului in speta, resur. tehn si profes.
invocate. Pers. fiz./jur. care asig. sust. tehn. si profes. nu trebuie
sa fie in sit. ce det. excl. din proc. cf. art. 180+art. 181 lit. a),
c1) si d) si art. 69^1-OUG 34-se va compl Form.Angaj priv. sust. tehn.
si profes. a ofert/candid./grupului de op. ec. insotit de Form.
Experienta simil. si de copii lizibile conform cu originalul de pe
certif/contr./orice alte doc. emise sau contrasemnate de o
autoritate/clientul beneficiar din care sa reiasa executarea la niv.
unui contr.max. 2 contr. de serv. similare obiectului procedurii.
VI.4)Ci de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru cile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [8]office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adres Internet: [9]http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
VI.4.2)Utilizarea cilor de atac
Precizri privind termenele limit de exercitare a cilor de atac: Cf.
art. 256^2 alin. 1 10 zile incepand cu data ulterioara luarii la
cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat
nelegal.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
Societate Gospodarire Urbana SRL Compartiment Achizitii Licitati
Strada Traian nr. 246
800186 Galati
ROMÂNIA
E-mail: [10]sp_adpgalati@yahoo.com
Telefon: +40 236477102
Fax: +40 236477102
VI.5)Data expedierii prezentului anun:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - IT-Rom
Versicherungen
Dokument Nr...: 26173-2016 (ID: 2016012609204164967)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
IT-Rom: Versicherungen
2016/S 17/2016 26173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ministero della Difesa Direzione generale di commissariato e di
Servizi generali
Piazza della Marina 4
Zu Händen von: dott.sa Daniela prosperi
00196 Roma
ITALIEN
Telefon: +39 0636803680
E-Mail: [4]commiservizi@commiservizi.difesa.it
Fax: +39 0636805643
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.commiservizi.difesa.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66510000
Beschreibung
Versicherungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 6 000 000 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Lungadige Cangrande 16
37126 Verona
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 6 000 000 EUR
References
4. mailto:commiservizi@commiservizi.difesa.it?subject=TED
5. http://www.commiservizi.difesa.it/
OT: 26/01/2016 S17 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Negoziata
senza indizione di gara
Italia-Roma: Servizi assicurativi
2016/S 017-026173
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero della Difesa Direzione generale di commissariato e di
Servizi generali
Piazza della Marina 4
All'attenzione di: dott.sa Daniela prosperi
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0636803680
Posta elettronica: [6]commiservizi@commiservizi.difesa.it
Fax: +39 0636805643
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]http://www.commiservizi.difesa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
I.3)Principali settori di attività
Difesa
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Servizio assicurativo per il personale della Difesa impegnato in
missioni «fuori area» Anno 2016.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi
b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITZZZ
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di assicurazione del personale della Difesa impiegato in
missione «Fuori Area» per l'anno 2016.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 6 000 000 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di
lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva.
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2013/S 034-054006 del 16.2.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
23.11.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Lungadige Cangrande 16
37126 Verona
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 6 000 000 EUR
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 comma 5 lettera b) del
D.Lgs. 163/06.
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Buchprüfung - DE-Wiesbaden
Buchprüfung
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 26273-2016 (ID: 2016012609212865058)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
DE-Wiesbaden: Buchprüfung
2016/S 17/2016 26273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hessisches Competence Center -Zentrale Beschaffung-
Rheingaustraße 186
Zu Händen von: Enzo Büttner
65203 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 611/6939-0
E-Mail: [6]beschaffung@hcc.hessen.de
Fax: +49 611/6939-400
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe.hessen.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Wirtschaftsprüfung HIM GmbH, Altlastensanierung (ASG).
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 9: Rechnungslegung, Abschlussprüfung und
Buchhaltung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Referat III 2 Finanzierung und fachbezogene
Verwaltung; Altlasten, Badegewässer, Mainzer Straße 80, 65189
Wiesbaden.
NUTS-Code DE7
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Wirtschaftsprüfer für die jährliche finanztechnische und fachtechnische
Prüfung der HIM GmbH Bereich Altlastensanierung (ASG) für die Jahre
2016 und 2017.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79212100, 71300000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Preis. Gewichtung 66
2. Prüfungstiefe. Gewichtung 34
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
VG-A0437-2015-0211
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Wirtschaftsprüfung HIM GmbH,
Altlastensanierung (ASG)
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
19.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hanauer Landstr. 115
60314 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
E-Mail: [9]carola.hofmann@bdo.de
Telefon: +49 6995941-400
Fax: +49 6995941-159
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6151/126601
Fax: +49 6151/125816
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Hessische Competence Center für neue Verwaltungssteuerung Zentrale
Beschaffung -
Rheingaustraße 186
65203 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]Beschaffung@hcc.hessen.de
Telefon: +49 6116939709
Fax: +49 6116939400
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21.1.2016
References
6. mailto:beschaffung@hcc.hessen.de?subject=TED
7. http://www.vergabe.hessen.de/
8. http://www.vergabe.hessen.de/
9. mailto:carola.hofmann@bdo.de?subject=TED
10. mailto:Beschaffung@hcc.hessen.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verwaltung von Datennetzen - NL-Eindhoven
Verwaltung von Datennetzen
Tischcomputer
Computeranlagen und Zubehör
Dokument Nr...: 26373-2016 (ID: 2016012609230165179)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
NL-Eindhoven: Verwaltung von Datennetzen
2016/S 17/2016 26373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Anculus namens Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
212115437
Pastoor Petersstraat 170 36
Zu Händen von: Annemieke Lukassen
5612 LW Eindhoven
NIEDERLANDE
Telefon: +31 402462357
E-Mail: [4]aanbesteding@anculus.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.anculus.nl
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73436
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72315200, 30213300, 30200000
Beschreibung
Verwaltung von Datennetzen.
Tischcomputer.
Computeranlagen und Zubehör.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Odin Onderwijs BV h.o.d.n. Heutink ICT
Expolaan 50
7556 BE Hengelo
NIEDERLANDE
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:aanbesteding@anculus.nl?subject=TED
5. http://www.anculus.nl/
6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73436
OT: 26/01/2016 S17 - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
procedure
Nederland-Eindhoven: Beheer van gegevensnetwerk
2016/S 017-026373
Aankondiging van een gegunde opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Anculus namens Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
212115437
Pastoor Petersstraat 170 36
Ter attentie van: Annemieke Lukassen
5612 LW Eindhoven
NEDERLAND
Telefoon: +31 402462357
E-mail: [6]aanbesteding@anculus.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.anculus.nl
Elektronische toegang tot informatie :
[8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73436
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aanbesteding ICT op basis van Best Value Procurement.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Zeist.
NUTS-code NL
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Netwerkbeheer en levering hardware voor de scholen van WereldKidz en
het stafkantoor.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
72315200, 30213300, 30200000
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Criterium: inschrijfprijs. Weging 25
2. Criterium: prestatie-onderbouwing. Weging 15
3. Criterium: risicodossier. Weging 20
4. Criterium: kansendossier . Weging 10
5. Criterium: interviews . Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2014.035
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [9]2015/S 040-068773 van
26.2.2015
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Titel: Aanbesteding ICT op basis van Best Value
Procurement
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
1.7.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Odin Onderwijs BV h.o.d.n. Heutink ICT
Expolaan 50
7556 BE Hengelo
NEDERLAND
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Router für Netzwerke - IT-Rom
Router für Netzwerke
Dokument Nr...: 26473-2016 (ID: 2016012609244265275)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
IT-Rom: Router für Netzwerke
2016/S 17/2016 26473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Banca d'Italia
Via Nazionale 91
00184 Roma
ITALIEN
E-Mail: [4]SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it
Fax: +39 0647928426
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.bancaditalia.it
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.bancaditalia.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32413100
Beschreibung
Router für Netzwerke.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 229 945,04 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Telecom Italia SpA
Via Gaetano Negri 1
20123 Milano
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 229 945,04 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it?subject=TED
5. http://www.bancaditalia.it/
6. http://www.bancaditalia.it/
OT: 26/01/2016 S17 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Negoziata
senza indizione di gara
Italia-Roma: Router di rete
2016/S 017-026473
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Banca d'Italia
Via Nazionale 91
00184 Roma
ITALIA
Posta elettronica: [6]SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it
Fax: +39 0647928426
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]http://www.bancaditalia.it
Indirizzo del profilo di committente: [8]http://www.bancaditalia.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: ente pubblico non economico
I.3)Principali settori di attività
Altro: banca centrale
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Acquisizione per i servizi della rete geografica per il
collegamentodelle dipendenze periferiche dell'Istituto (C013a/15).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Acquisizione per i servizi della rete geografica per il
collegamentodelle dipendenze periferiche dell'Istituto (C013a/15).
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32413100
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 229 945,04 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti
dallamministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva.
Sussistenza di un vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
C013a/15
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell'avviso nella GUUE: [9]2015/S 225-410283 del 20.11.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.12.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Telecom Italia SpA
Via Gaetano Negri 1
20123 Milano
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 1 229 945,04 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di
cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento. Il contratto non conterrà le
clausole compromissorie di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Teile für Lokomotiven oder rollendes Material - LT-Wilna
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
Dokument Nr...: 26573-2016 (ID: 2016012609261965374)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
LT-Wilna: Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
2016/S 17/2016 26573
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
AB Lietuvos geleinkeliai
110053842
Mindaugo g. 12
Zu Händen von: Agn Stulginskien
LT-03603 Vilnius
LITAUEN
Telefon: +370 52693467
E-Mail: [4]a.stulginskiene@litrail.lt
Fax: +370 52693005
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.litrail.lt
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34631000
Beschreibung
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material.
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Guoliai ritininiai
1)Kurze Beschreibung:
Guoliai ritininiai.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34631000
3)Menge oder Umfang:
2 000 vnt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Beginn 1.4.2016 Abschluss 23.11.2016
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin)
1)Kurze Beschreibung:
Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin).
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34631000
3)Menge oder Umfang:
44 200 vnt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Beginn 1.4.2016 Abschluss 23.11.2016
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 27.2.2016 - 09:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 09:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Litauisch.
Sonstige: Rus k.
References
4. mailto:a.stulginskiene@litrail.lt?subject=TED
5. http://www.litrail.lt/
6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 26/01/2016 S17 - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
Atviras konkursas
Lietuva-Vilnius: Lokomotyv ir riedmen dalys
2016/S 017-026573
Skelbimas apie pirkim. Komunalins paslaugos
Preks
Direktyva 2004/17/EB
I dalis: Perkantysis subjektas
I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
AB Lietuvos geleinkeliai
110053842
Mindaugo g. 12
Kam: Agn Stulginskien
LT-03603 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52693467
El. patas: [6]a.stulginskiene@litrail.lt
Faksas: +370 52693005
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkaniojo subjekto adresas: [7]http://www.litrail.lt
Elektronin prieiga prie informacijos:
[8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)Pagrindin veikla
Geleinkelio paslaugos
I.3)Sutarties sudarymas kit perkanij subjekt vardu
Perkantysis subjektas perka kit perkanij subjekt vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas
II.1)Apraymas
II.1.1)Pavadinimas, kur perkantysis subjektas suteik sutariai:
MT-3-3 Prekini vagon ritinini guoli ir stabdi trinkeli pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
teikimo vieta
Preks
Pirkimas
Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
Preks turi bti patiektos Radvilikio prekini vagon depui (Preki
gavjas) Pukino g.1, Radvilikis.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viej sutart, preliminarj susitarim arba
dinamin pirkimo sistem (DPS)
Skelbimas susijs su vieja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarj susitarim
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas:
Prekini vagon ritinini guoli ir stabdi trinkeli pirkimas.
II.1.6)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
34631000
II.1.7)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
II.1.8)Informacija apie pirkimo dalis
i sutartis padalyta dalis: taip
Pasilymai gali bti teikiami dl vienos ar daugiau pirkimo dali
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasilymus
Leidiama pateikti alternatyvius pasilymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybs: ne
II.2.3)Informacija apie pratsimus
i sutartis gali bti pratsta: ne
II.3)Sutarties trukm arba vykdymo terminas
darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
Informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Guoliai ritininiai
1)Trumpas apraymas:
Guoliai ritininiai.
2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
34631000
3)Kiekis arba apimtis:
2 000 vnt.
4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
dat
darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Trinkel stabdi
kompozicin (beasbestin)
1)Trumpas apraymas:
Trinkel stabdi kompozicin (beasbestin).
2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
34631000
3)Kiekis arba apimtis:
44 200 vnt.
4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
dat
darbai bus pradti 1.4.2016 darbai bus baigti 23.11.2016
III dalis: Teisin, ekonomin, finansin ir technin informacija
III.1)Su sutartimi susijusios slygos
III.1.1)Reikalaujami ustatai ir garantijos:
Sutarties vykdymas utikrinamas viena i Sutarties bendrosiose
slygose nurodyt prievoli vykdymo utikrinimo bd 3 proc. nuo
Sutarties kainos neskaitant PVM. Banko garantijos originalas arba
mokjimo nurodym patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir
banko darbuotojo parau) turi bti pateiktas Pirkjui/Pirkjo atstovui
Vilnius, Mindaugo g. 12, 403 kab.
III.1.2)Pagrindins finansavimo slygos ir atsiskaitymo tvarka bei
(arba) nuorodos atitinkamas jas reglamentuojanias nuostatas:
Apmokjimas u patiektas ir priimtas Prekes atliekamas pasiraius
perdavimoprimimo akt, pagal Tiekjo pateikt PVM sskait faktr
(original), atitinkani Sutarties bendrosiose slygose nurodytus
reikalavimus, mokjimo nurodymu Tiekjo banko sskait, nurodyt
ioje Sutartyje, per 45 kalendorines dienas po PVM sskaitos faktros
ir Preki perdavimoprimimo akto gavimo dienos. Jei ie dokumentai
pateikiami ne vienu metu nuo dokumento pateikto vlesne data, gavimo
dienos. PVM sskaitos faktros pateikimo terminas ne vliau kaip iki
kito mnesio 6 kalendorins dienos po perdavimoprimimo akto
pasiraymo.
III.1.3)Teisin forma, kuri turi gyti kio subjekt grup, su kuria
bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos slygos:
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos slygos: ne
III.2)Dalyvavimo slygos
III.2.1)Informacija apie asmenin kio subjekto padt, skaitant
reikalavimus, susijusius su traukimu profesinius ar prekybos
registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams: 1. Tiekjas (fizinis asmuo) arba Tiekjo (juridinio
asmens) vadovas ar kins bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis juridinio asmens vardu sudaryti sandor, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
teis surayti ir pasirayti Tiekjo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra inyks ar panaikintas), dl Tiekjo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u dalyvavim
nusikalstamame susivienijime, jo organizavim ar vadovavim jam, u
kyininkavim, tarpininko kyininkavim, papirkim, sukiavim,
kredito, paskolos ar tikslins paramos panaudojim ne pagal paskirt ar
nustatyt tvark, kreditin sukiavim, mokesi nesumokjim,
neteising duomen apie pajamas, peln ar turt pateikim,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim, nusikalstamu
bdu gauto turto gijim ar realizavim, nusikalstamu bdu gyt pinig
ar turto legalizavim. Dl Tiekjo i kitos valstybs nra priimtas ir
siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u 31.3.2004 Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dl vieojo darb, preki
ir paslaug pirkimo sutari sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1
dalyje ivardytuose Europos Sjungos teiss aktuose apibrtus
nusikaltimus.
Pateikiamas Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs mons
Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies
institucijos dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento kopija),
iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau,
taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
2. Tiekjas nra bankrutavs, likviduojamas, su kreditoriais sudars
taikos sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos arba jo padtis
pagal alies, kurioje jis registruotas, statymus nra tokia pati ar
panai. Jam nra ikelta restruktrizavimo, bankroto byla arba nra
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nra inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedros arba
jam nra vykdomos analogikos procedros pagal alies, kurioje jis
registruotas, statymus.
Pateikiama:
1) Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, i jo nereikalaujama pateikti joki reikalavim rodani
dokument. Perkanioji organizacija duomenis tikrina paskutin
pasilym pateikimo termino dien, nurodyt skelbime apie pirkim.
Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
jis pateikia Valstybs mons Registr centro iduot ira ar ios
mons Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka iduot
dokument, patvirtinant jungtinius kompetenting institucij tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybms rodyti, arba teismo iduot ira i
teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybs Tiekjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia alies, kurioje yra registruotas Tiekjas, ar alies, i
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar vieojo administravimo
institucijos iduot paym.
Nurodytas dokumentas turi bti iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei
dokumentas iduotas anksiau, taiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.
2) Tiekjo deklaracija (i konkurso slyg 2 priedas (a)),
patvirtinanti, kad Tiekjas nra su kreditoriais sudars taikos
sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos, arba atitinkamos
usienio alies, kurioje Tiekjas yra registruotas, iduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekjas nra su kreditoriais sudars
taikos sutarties, sustabds ar apribojs savo veiklos, nra inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedros arba
jo padtis pagal alies, kurioje jis registruotas, statymus nra tokia
pati ar panai, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei
atitinkamoje alyje neiduodamas mintas dokumentas arba jis neapima
vis keliam klausim.
(pateikiamos skaitmenins dokument kopijos).
3.Tiekjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra inyks
ar panaikintas), dl Tiekjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis
u nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinms teisms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finans sistemai, valstybs tarnybai ir vieiesiems
interesams, iskyrus i konkurso slyg 14.1 punkte ivardytas veikas.
Pateikiamas Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs mons
Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies,
kurioje Tiekjas yra registruotas, institucijos iduotas dokumentas
(pateikiama skaitmenin dokumento kopija), iduotas ne anksiau kaip
3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas
galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekjas, kuris yra
*juridinis asmuo, dalyvis, turintis bals daugum juridinio asmens
dalyvi susirinkime, neturi neinykusio ar nepanaikinto teistumo u
nusikalstam bankrot.
Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
pateikiama Iraas i teismo sprendimo arba Informatikos ir ryi
departamento prie Vidaus reikal ministerijos, ar valstybs mons
Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka
iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies,
kurioje Tiekjas yra registruotas, institucijos iduotas dokumentas
(pateikiama skaitmenin dokumento kopija), iduotas ne anksiau kaip
3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas
galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Kitos usienio valstybs tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia
alies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybs
institucijos iduot paym (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
* Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje arba kitoje usienio valstybje, pateikiama laisvos formos
deklaracija, kurioje tiekjas nurodo duomenis apie turimus balsus
juridinio asmens dalyvi susirinkime (pateikiama skaitmenin dokumento
kopija).
5. Tiekjas turi teis verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutariai vykdyti.
Pateikiami Tiekjo (juridinio asmens) statai (nuostatai) ar kiti
dokumentai, patvirtinantys Tiekjo teis verstis atitinkama veikla arba
atitinkamos usienio alies institucijos (profesini ar veiklos
tvarkytoj, valstybs galiot institucij paymos, kaip yra nustatyta
toje valstybje, kurioje Tiekjas registruotas) iduotas dokumentas
(pateikiama tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija,
liudijanti Tiekjo teis verstis atitinkama veikla.
Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijim ar individualios veiklos
registravimo paym, arba atitinkam kompetentingos institucijos
iduot paym, patvirtinani individualios veiklos registravim.
(pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
6. Tiekjas nra padars rimto profesinio paeidimo, kur Perkanioji
organizacija gali rodyti bet kokiomis teistomis priemonmis. iame
punkte vartojama svoka rimtas profesinis paeidimas suprantama kaip
profesins etikos paeidimas, kai nuo Tiekjo pripainimo nesilaikaniu
profesins etikos norm momento prajo maiau kaip vieni metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotoj saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teiss akt paeidimas, u kur tiekjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administracin nuobauda, o tiekjui, kuris yra juridinis
asmuo, ekonomin sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
statymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta i sankcija,
siteisjimo dienos prajo maiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis Tiekjas, kuris yra juridinis asmuo, paeid Lietuvos
Respublikos konkurencijos statymo 5 straipsn, toks paeidimas pagal
punkt laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos statyme nustatyt ekonomin sankcij
siteisjimo dienos prajo maiau kaip 3 metai. Jeigu tiekjas, kuris
yra fizinis asmuo, arba tiekjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis,
turintis bals daugum juridinio asmens dalyvi susirinkime, yra
pripaintas kaltu dl tyinio bankroto, kaip jis apibrtas Lietuvos
Respublikos moni bankroto statyme, toks paeidimas pagal punkt
laikomas rimtu profesiniu paeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo
siteisjimo dienos prajo maiau kaip 3 metai. Tiekjas, registruotas
kitoje alyje, laikomas padars rimt profesin paeidim, u kur jam
buvo paskirta tokia pati ar panai sankcija t, kuri numatyta u
tokio pobdio paeidimus Lietuvos Respublikoje.
Pateikiama Tiekjo deklaracija (pateikiama skaitmenin deklaracijos
kopija).
7. Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su mokesi,
skaitant socialinio draudimo mokas, mokjimu pagal alies, kurioje
jis registruotas, ar alies, kurioje yra perkanioji organizacija,
reikalavimus. Tiekjas laikomas vykdiusiu sipareigojimus, susijusius
su mokesi, skaitant socialinio draudimo mokas, mokjimu, jeigu jo
nevykdyt sipareigojim suma yra maesn kaip 50 EUR.
1) Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su mokesi
mokjimu, pateikiama: Valstybins mokesi inspekcijos iduotas
dokumentas arba valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybs nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis, jeigu Tiekjas
yra registruotas usienio alyje atitinkamos usienio alies
institucijos dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento kopija),
iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas anksiau,
taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
2) Tiekjas yra vykds sipareigojimus, susijusius su socialinio
draudimo mok mokjimu, pateikiama:
Jeigu Tiekjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
i jo nereikalaujama pateikti joki reikalavim rodani dokument.
Perkanioji organizacija tikrina paskutins pasilym pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkim, duomenis.
Jeigu Tiekjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje,
pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorini
skyri ir kit Valstybinio socialinio draudimo fondo staig, susijusi
su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, iduot
dokument, arba pateikia valstybs mons Registr centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybs nustatyta tvarka iduot dokument,
patvirtinant jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis
(pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
Kitos valstybs Tiekjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia alies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybs
institucijos iduot paym (pateikiama skaitmenin dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi bti iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei
dokumentas iduotas anksiau, taiau jame nurodytas galiojimo terminas
ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
8. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, nra baustas u leidim dirbti
nelegal darb arba Tiekjas, kuris yra juridinis asmuo, nra baustas
u leidim dirbti nelegaliai treij ali pilieiams. Tiekjas yra
laikomas baustu jeigu nuo administracins nuobaudos paskyrimo prajo
maiau kaip 1 metai.
Pateikiama Laisvos formos Tiekjo deklaracija, patvirtinanti, kad
Tiekjas (fizinis asmuo) nra baustas u leidim dirbti nelegal darb
arba Tiekjas (juridinis asmuo) nra baustas u leidim dirbti
nelegaliai treij ali pilieiams (pateikiama skaitmenin
deklaracijos kopija).
9. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neinykusio ar
nepanaikinto teistumo arba tiekjui, kuris yra juridinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus nra siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis
u Lietuvos Respublikoje nelegaliai esani treij ali piliei
darb.
Pateikiamas Valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybs nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetenting institucij tvarkomus duomenis, jeigu Tiekjas
yra registruotas usienio alyje atitinkamos usienio alies
institucijos iduotas dokumentas (pateikiama skaitmenin dokumento
kopija), iduotas ne anksiau kaip 3.2.2016. Jei dokumentas iduotas
anksiau, taiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei
pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams: Netaikoma.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaug sutartims taikomos specialios slygos
III.3.1)Informacija apie tam tikr profesij
III.3.2)U paslaugos teikim atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedra
IV.1)Procedros tipas
IV.1.1)Procedros tipas
Atvira procedra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Maiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracin informacija
IV.3.1)Perkaniojo subjekto priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
ne
IV.3.3)Specifikacij ir papildom dokument gavimo slygos (iskyrus
DPS)
Praym pateikti dokumentus primimo ar susipainimo su dokumentais
terminas: 27.2.2016 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasilym ar paraik dalyvauti pirkimo procedroje primimo
terminas
3.3.2016 - 09:00
IV.3.5)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai ar
paraikos dalyvauti pirkimo procedroje
lietuvi kalba.
Kita: Rus k.
IV.3.6)Minimalus laikotarpis, per kur dalyvis privalo utikrinti
pasilymo galiojim
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kuri priimami pasilymai)
IV.3.7)Susipainimo su pasilymais slygos
Data: 3.3.2016 - 9:00
Vieta
AB Lietuvos geleinkeliai patalpose, 217 kab., Mindaugo g. 12,
Vilnius, Lietuvos Respublika.
Asmenys, kuriems leidiama dalyvauti susipainimo su pasilymais
procedroje: taip
Susipainimo su pasilymais posdyje turi teis dalyvauti visi
pasilymus pateik tiekjai arba j galioti atstovai, taip pat
vieuosius pirkimus kontroliuojani institucij atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija
VI.1)Informacija apie periodikum
Tai periodikas vieasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sjungos fond lomis: ne
VI.3)Papildoma informacija:
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonmis, pasiekiamomis adresu
[10]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
VI.4)Skund pateikimo procedra
VI.4.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
VI.4.2)Skund pateikimas
Tiksli informacija apie skund pateikimo termin(-us): Tiekjas,
nordamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginyti perkaniosios
organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenzij
perkaniajai organizacijai Viej pirkim statymo V skyriuje
nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
VI.5)io skelbimo isiuntimo data:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks - IT-Mailand
Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
Dokument Nr...: 26673-2016 (ID: 2016012609280365481)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
IT-Mailand: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
2016/S 17/2016 26673
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Azienda Trasporti Milanesi SpA
Foro Buonaparte 61
20121 Milano
ITALIEN
Telefon: +39 02480311
E-Mail: [4]responsabileacquisti@atm.it
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.atm.it
Weitere Auskünfte erteilen: Azienda Trasporti Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
Zu Händen von: Nicola Raucci
20159 Milano
ITALIEN
Telefon: +39 0248038267
E-Mail: [6]Nicola.Raucci@atm.it
Fax: +39 026887778
Internet-Adresse: [7]www.atm.it
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: Azienda Trasporti
Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
Zu Händen von: Nicola Raucci
20159 Milano
ITALIEN
Telefon: +39 0248038267
E-Mail: [8]Nicola.Raucci@atm.it
Fax: +39 026887778
Internet-Adresse: [9]www.atm.it
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Azienda Trasporti
Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
20159 Milano
ITALIEN
Fax: +39 026887778
Internet-Adresse: [10]www.atm.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50111000
Beschreibung
Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 26.2.2016 - 13:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Italienisch.
References
4. mailto:responsabileacquisti@atm.it?subject=TED
5. http://www.atm.it/
6. mailto:Nicola.Raucci@atm.it?subject=TED
7. http://www.atm.it/
8. mailto:Nicola.Raucci@atm.it?subject=TED
9. http://www.atm.it/
10. http://www.atm.it/
OT: 26/01/2016 S17 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Milano: Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di
manutenzione
2016/S 017-026673
Avviso di gara Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Trasporti Milanesi SpA
Foro Buonaparte 61
20121 Milano
ITALIA
Telefono: +39 02480311
Posta elettronica: [6]responsabileacquisti@atm.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: [7]http://www.atm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
All'attenzione di: Nicola Raucci
20159 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0248038267
Posta elettronica: [8]Nicola.Raucci@atm.it
Fax: +39 026887778
Indirizzo internet: [9]www.atm.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Azienda Trasporti Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
All'attenzione di: Nicola Raucci
20159 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0248038267
Posta elettronica: [10]Nicola.Raucci@atm.it
Fax: +39 026887778
Indirizzo internet: [11]www.atm.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda
Trasporti Milanesi SpA
Viale Stelvio 2
20159 Milano
ITALIA
Fax: +39 026887778
Indirizzo internet: [12]www.atm.it
I.2)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Appalto 749 Revamping dei sistemi diagnostici della macchina Plasser
& Theurer EM-60.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Codice NUTS ITC45
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Revamping dei sistemi diagnostici della macchina Plasser & Theurer
EM-60 CIG. 6561377B94.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50111000
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 210 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile
all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA Direzione Acquisti
Viale Stelvio 2 20159 Milano Italia Tel. 0248038267 Fax.
026887778 oppure visionabile all'indirizzo [13]www.atm.it;
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento;
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara»
reperibile all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA Direzione
Acquisti Viale Stelvio 2 20159 Milano Italia Tel. 0248038267
Fax. 026887778 oppure visionabile all'indirizzo [14]www.atm.it;
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara»
reperibile all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA Direzione
Acquisti Viale Stelvio 2 20159 Milano Italia Tel. 0248038267
Fax. 026887778 oppure visionabile all'indirizzo [15]www.atm.it;
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
aggiudicatore:
Appalto 749
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di
acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 26.2.2016 - 13:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
7.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.3.2016 - 14:30
Luogo
ATM SpA Viale Stelvio 2 Milano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile
all'indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA Direzione Acquisti
Viale Stelvio 2 20159 Milano Italia Tel. 0248038267 Fax.
026887778 oppure visionabile all'indirizzo [16]www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo
ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul
bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
[17]www.atm.it;
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per la Lombardia Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi
Via Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di
cui all'art. 79 D. Lgs. 163/2006 o, per le clausole di gara
immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Diverse Nahrungsmittel - PL-Katowice
Diverse Nahrungsmittel
Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst
Gemüse
Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
Fleisch
Rind- und Kalbfleisch
Rindfleisch
Geflügel
Würste
Margarine
Trinkwasser
Dokument Nr...: 2673-2016 (ID: 2016010609061040056)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
PL-Katowice: Diverse Nahrungsmittel
2016/S 3/2016 2673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 lskiego Uniwersytetu
Medycznego Górnolskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Zioowa 45/47
Kontaktstelle(n): j.w.
Zu Händen von: Anna Zawada
40-635 Katowice
POLEN
Telefon: +48 323598952
E-Mail: [4]azawada@gcm.pl
Fax: +48 322029501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.gcm.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15800000, 03200000, 03221000, 15100000, 15110000, 15111000, 15111100,
15112000, 15131130, 15431100, 41110000
Beschreibung
Diverse Nahrungsmittel.
Getreide, Kartoffeln/Erdäpfel, Gemüse und Obst.
Gemüse.
Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse.
Fleisch.
Rind- und Kalbfleisch.
Rindfleisch.
Geflügel.
Würste.
Margarine.
Trinkwasser.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 706 244,72 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Milko Hurtowe Centrum Nabiau mgr in. Wodzimierz Natkaniec
ul. Dulby 5
40-833 Katowice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 95 603,72 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Invest Michel
Kobierne 44A
05-311 Dbe Wielkie
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 17 550 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Zakady Misne Ham Cicho i Wspólnicy Spóka Jawna
ul. Szybowa 7
41-922 Radzionków
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 66 044 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
PPHU John Pawe John
ul. ródlana 5
64-140 Woaszkowice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 7 700 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Zakady Misne Wiesaw Leniak
ul. Axentowicza 20A
33-300 Nowy Scz
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 206 780 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Zakady Misne Wiesaw Leniak
ul. Axentowicza 20A
33-300 Nowy Scz
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 154 285 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Firma Handlowa Trokos Spóka Jawna Magorzata Trojaska Józef Trojaski
ul. Krakowska 409
32-420 Gdów
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 102 020 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Dostawea artykuów ywnociowych Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Firma Handlowo-Usugowa Kaprys
ul. Bytomska 86
41-940 Piekary lskie
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 56 262 PLN
ohne MwSt
References
4. mailto:azawada@gcm.pl?subject=TED
5. http://www.bip.gcm.pl/
OT: 06/01/2016 S3 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Katowice: Róne produkty spoywcze
2016/S 003-002673
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 lskiego Uniwersytetu
Medycznego Górnolskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Zioowa 45/47
Punkt kontaktowy: j.w.
Osoba do kontaktów: Anna Zawada
40-635 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 323598952
E-mail: [6]azawada@gcm.pl
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.gcm.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawea artykuów ywnociowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 7 lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnolskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, 40-635 Katowice-Ochojec, ul.
Zioowa 45/47.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa artykuów ywnociowych
Zad. 1 Dostawa wody sezonowa w okresie letnim;
Zad. 2 Dostawa wody dla pacjentów;
Zad. 3 Ciasta;
Zad. 4 Jaja kurze;
Zad. 5 Miso i wyroby wieprzowe;
Zad. 6 Miso woowe;
Zad. 7 Drób;
Zad. 8 Wdliny;
Zad. 9 Margaryna;
Zad. 10 Warzywa i owoce sezonowe;
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawieraj zaczniki 2b i 4a,4b
do SIWZ.
3.3. W celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom
okrelonym przez Zamawiajcego Wykonawca jest zobowizany zoy wraz z
ofert:
1 W odniesieniu do kadego zadania
Ksiga jakoci (HACCP) lub w przypadku braku Ksigi Kart
Specyfikacji Surowca potwierdzajc wymagania Zamawiajcego dotyczce
surowców sporzdzonego wg wzoru stanowicego zacznik nr 4a lub
Kart Specyfikacji Produktu zacznik nr 4b
w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem
przez Wykonawc;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te skada
penomocnik tych Wykonawców;
2 W odniesieniu do zadania nr 8
Pisemny wykaz wasnego nazewnictwa wdlin sporzdzony przez Wykonawc
wg wzoru stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ. Oprócz pozycji 2, 7, 9,
10, 11 i 12 kada grupa wdlin powinna zawiera minimum dwie nazwy
wasne;
w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginaem
przez Wykonawc;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te skada
penomocnik tych Wykonawców;
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
15800000, 03200000, 03221000, 15100000, 15110000, 15111000, 15111100,
15112000, 15131130, 15431100, 41110000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 706 244,72 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin dostaw czstkowych. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
DZ/3321/180/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 143-263851 z dnia 28.7.2015
Inne wczeniejsze publikacje
Numer ogoszenia w Dz.U.: [9]2015/S 168-306131 z dnia 1.9.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 1 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych Zad. 1 Dostawa wody sezonowa w
okresie letnim
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Milko Hurtowe Centrum Nabiau mgr in. Wodzimierz Natkaniec
ul. Dulby 5
40-833 Katowice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 95 603,72 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 4 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 4 Jaja kurze
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Invest Michel
Kobierne 44A
05-311 Dbe Wielkie
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 17 550 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 5 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 5 Miso i wyroby wieprzowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Zakady Misne Ham Cicho i Wspólnicy Spóka Jawna
ul. Szybowa 7
41-922 Radzionków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 66 044 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 6 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 6 Miso woowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
PPHU John Pawe John
ul. ródlana 5
64-140 Woaszkowice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 7 700 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 7 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 7 Drób
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Zakady Misne Wiesaw Leniak
ul. Axentowicza 20A
33-300 Nowy Scz
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 206 780 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 8 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 8 Wdliny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Zakady Misne Wiesaw Leniak
ul. Axentowicza 20A
33-300 Nowy Scz
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 154 285 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 9 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 9 Margaryna
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Firma Handlowa Trokos Spóka Jawna Magorzata Trojaska Józef Trojaski
ul. Krakowska 409
32-420 Gdów
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 102 020 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawea artykuów ywnociowych Cz nr: 10 - Nazwa:
Dostawa artykuów ywnociowych zad. 10 Warzywa i owoce sezonowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Firma Handlowo-Usugowa Kaprys
ul. Bytomska 86
41-940 Piekary lskie
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 56 262 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
4. Termin wykonania zamówienia
W odniesieniu do zadania nr 1 i 2 Wykonawca zobowizany jest wykonywa
przedmiot zamówienia w okresie 36 miesicy na zasadach okrelonych w
umowie. Maksymalny termin dostaw czstkowych: 2 dni od daty zoenia
zamówienia czstkowego.
W odniesieniu do zadania nr 3 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
12.09.2015 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
Zamawiajcego. Maksymalny termin dostaw czstkowych 24 godziny od daty
zoenia zamówienia czstkowego.
W odniesieniu do zadania nr 4 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
11.12.2015 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
Zamawiajcego.
W odniesieniu do zadania nr 5, 6, 7, 8, 9 Wykonawca jest zobowizany
wykonywa przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie
wczeniej ni od 10.1.2016 poprzez realizacj zamówie czstkowych
skadanych przez Zamawiajcego. Zamawiajcy wymaga, aby dostawa
czstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie skadanego przez
Zamawiajcego zamówienia (za porednictwem faxu lub telefonicznie),
nastpowaa codziennie od poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do
12:00. . Maksymalny termin dostaw czstkowych 24 godziny od daty
zoenia zamówienia czstkowego.
W odniesieniu do zadania nr 10 Wykonawca jest zobowizany wykonywa
przedmiot zamówienia w okresie 12 miesicy jednak nie wczeniej ni od
27.1.2016 poprzez realizacj zamówie czstkowych skadanych przez
Zamawiajcego. Zamawiajcy wymaga, aby dostawa czstkowa przedmiotu
zamówienia, na podstawie skadanego przez Zamawiajcego zamówienia (za
porednictwem faxu lub telefonicznie), nastpowaa codziennie od
poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do 12:00. Maksymalny termin
dostaw czstkowych 24 godziny od daty zoenia zamówienia czstkowego.
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Pouczenie o
rodkach ochrony prawnej przysugujcych wykonawcy w toku postpowania
o udzielenie zamówienia
17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynnoci Zamawiajcego podjtej w
postpowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnoci, do
której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie Pzp, Wykonawca moe
wnie odwoanie.
17.2. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami Pzp,
zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
odwoania.
17.3. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
treci przed upywem tego terminu. Domniemywa si, i Zamawiajcy móg
zapozna si z treci odwoania przed upywem terminu do jego
wniesienia, jeeli przesanie jego kopii nastpio przed upywem
terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w
art. 27 ust. 2 Pzp.
17.4. Odwoanie wnosi si w terminach okrelonych odpowiednio w art.
182 ust. 14 Pzp.
17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej stronom oraz uczestnikom
postpowania odwoawczego przysuguje skarga do sdu.
Skarg wnosi si do sdu okrgowego waciwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania Zamawiajcego.
Skarg wnosi si za porednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w
terminie 7 dni od dnia dorczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoawczej,
przesyajc jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zoenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
17.6. rodki ochrony prawnej s szczegóowo unormowane w art. 179198
lit. g) Pzp.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste - NO-Sandeid
Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
Dokument Nr...: 26773-2016 (ID: 2016012609290965566)
Veröffentlicht: 26.01.2016
*
NO-Sandeid: Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste
2016/S 17/2016 26773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Vindafjord kommune
988893226
Østbøvegen 2
Zu Händen von: Willy Skulerud
5585 Sandeid
NORWEGEN
Telefon: +47 53656112
E-Mail: [4]willy.skulerud@vindafjord.kommune.no
Fax: +47 53656566
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.vindafjord.kommune.no
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
98000000
Beschreibung
Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
2.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Sonstige: Norwegian.
References
4. mailto:willy.skulerud@vindafjord.kommune.no?subject=TED
5. http://www.vindafjord.kommune.no/
6. https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
7. https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
OT: 26/01/2016 S17 - - Services - Contract notice - Open procedure
Norway-Sandeid: Other community, social and personal services
2016/S 017-026773
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Vindafjord kommune
988893226
Østbøvegen 2
For the attention of: Willy Skulerud
5585 Sandeid
NORWAY
Telephone: +47 53656112
E-mail: [6]willy.skulerud@vindafjord.kommune.no
Fax: +47 53656566
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.vindafjord.kommune.no
Address of the buyer profile:
[8]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3612
Electronic access to information:
[9]https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139858
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Framework agreement water, sewage and road consultancy services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Vindafjord.
NUTS code NO043
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 3
Duration of the framework agreement
Duration in months: 24
Estimated total value of purchases for the entire duration of the
framework agreement
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 000 000 and 4 000 000 NOK
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Consultancy services within water, sewage and roads.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
98000000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
A 2 year contract has been signed with 3 different consultancy
companies.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 000 000 and 4 000 000 NOK
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 024 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
See the tender documentation.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
See the tender documentation.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
See the tender documentation.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions:
yes
Description of particular conditions: Provide material in New
Norwegian.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: See the tender documentation.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: See the tender documentation.
Minimum level(s) of standards possibly required: Credit rating of B or
better.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
See the tender documentation.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Responsible applicant development class 2.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: yes
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
16/6
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Other: Norwegian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
in days: 090 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 3.3.2016 - 0:00
Place: Vindafjord kommune
988893226
Østbøvegen 2
For the attention of: Willy Skulerud
5585 Sandeid
NORWAY
Technical building
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
Vindafjord kommune
988893226
Østbøvegen 2
5585 Sandeid
NORWAY
E-mail: [10]willy.skulerud@vindafjord.kommune
Telephone: +47 53656112
Fax: +47 53656565
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ten days.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - CZ-Staré Msto
Bauarbeiten
Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
Pfade und andere ungeteerte Wege
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
Dokument Nr...: 26873-2016 (ID: 2016012709023065760)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
CZ-Staré Msto: Bauarbeiten
2016/S 18/2016 26873
Obec Staré Msto, 00576051, Staré Msto 66, Staré Msto 792 01,
TSCHECHISCHE REPUBLIK. E-Mail: suhejova@iwwal.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 8.1.2016, [1]2016/S
005-004580)
Betr.:
CPV:45000000, 45213316, 45233160, 90400000, 45213300
Bauarbeiten
Anlage von Fußgänger-Verbindungsgängen
Pfade und andere ungeteerte Wege
Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung
Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude
Anstatt:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
1.2.2016 (14:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
1.2.2016 (14:00)
muss es heißen:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
24.2.2016 (14:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
24.2.2016 (14:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004580-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 27/01/2016 S18 - - Stavební práce - Dodatené informace -
Otevené ízení
eská republika-Staré Msto: Stavební práce
2016/S 018-026873
Obec Staré Msto, 00576051, Staré Msto 66, Staré Msto 792 01, ESKÁ
REPUBLIKA. E-mail: suhejova@iwwal.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 8.1.2016, [1]2016/S
005-004580)
Pedmt:
CPV:45000000, 45213316, 45233160, 90400000, 45213300
Stavební práce
Stavební úpravy chodník
Chodníky a jiné zpevnné povrchy
Kanalizace
Stavby slouící doprav
Namísto:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
1.2.2016 (14:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
1.2.2016 (14:00)
tte:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
24.2.2016 (14:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
24.2.2016 (14:00)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Architekturentwurf - BG-Karlovo
Architekturentwurf
Bauarbeiten
Abdichtungs- und Dämmarbeiten
Urheberrechtsberatung
Dokument Nr...: 26973-2016 (ID: 2016012709033765852)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
BG-Karlovo: Architekturentwurf
2016/S 18/2016 26973
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Obshtina Karlovo
ul. Petko Sabev No. 1
Kontaktstelle(n): Obshtina Karlovo
Zu Händen von: Yordanka Kostadinova
4300 Karlovo
BULGARIEN
Telefon: +359 33554586
Fax: +359 33554581
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.karlovo.bg
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%
80%D0%B8/118
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71220000, 45000000, 45320000, 79121000
Beschreibung
Architekturentwurf.
Bauarbeiten.
Abdichtungs- und Dämmarbeiten.
Urheberrechtsberatung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 7.3.2016 - 17:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 17:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Bulgarisch.
References
4. http://www.karlovo.bg/
5. http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/118
OT: 27/01/2016 S18 - - - -
-:
2016/S 018-026973
2004/18/
:
I.1), /
000471365
. 1
/ :
:
4300
: +359 33554586
: [6]ykostadinova@karlovo.bg
: +359 33554581
/:
: [7]www.karlovo.bg
:
[8]http://www.karlovo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%
80%D0%B8/118
: /
/
(
)
: / /
:
/ /
I.2)
I.3)
I.4)
:
:
II.1)
II.1.1) , :
,
, , .
II.1.2) ,
,
: .
NUTS BG421
II.1.3) ,
()
II.1.4)
II.1.5) /
,
,
: 1:
, : , . , .
45, 36498.503.2414.1 .
; 2: ,
: , . , . 28,
36498.504.1715.1 . ;
3: , :
, . , , . 16, I-
. 7 . ; 4:
, : , .
, . 19-21-23 I- . 7
. ( 3 : .
19, . , ; . 21,
. , ; . 23, . ,
); 5: ,
: , . , . 94,
36498.503.2819.1 . ;
6: , :
, . , . 1,
36498.504.3071.1 . ; 7:
, : , .
, . 28 I- . 7
. .
II.1.6)O (CPV)
71220000, 45000000, 45320000, 79121000
II.1.7) (GPA)
II.1.8)
:
II.1.9)
:
II.2)
II.2.1) :
,
,
: 1:
, : , . , .
45, 36498.503.2414.1 .
; 2: ,
: , . , . 28,
36498.504.1715.1 . ;
3: , :
, . , , . 16, I-
. 7 . ; 4:
, : , .
, . 19-21-23 I- . 7
. ( 3 : .
19, . , ; . 21,
. , ; . 23, . ,
); 5: ,
: , . , . 94,
36498.503.2819.1 . ;
6: , :
, . , . 1,
36498.504.3071.1 . ; 7:
, : , .
, . 28 I- . 7
. .
, : 5 725 304,18 BGN
II.2.2)
:
II.2.3)
:
II.3)
: 90 ( )
: 1 :
, : , . , .
45, 36498.503.2414.1 .
1)
, : , .
, . 45, 36498.503.2414.1
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
2 733,60 . .
, : 536 400,81 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 2 :
, : , . , .
28, 36498.504.1715.1 .
1)
, : , .
, . 28, 36498.504.1715.1
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
5 955,96 . .
, : 899 508,07 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 3 :
, : , . ,
, . 16, I- . 7 .
1)
, : , .
, , . 16, I- . 7
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
2 759,91 . .
, : 573 044,64 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 4 :
, : , . , .
19-21-23 I- . 7
.
1)
, : , .
, . 19-21-23 I- . 7
. . , -
,
- ,
: : . , . 19
2 28 .
2 364,82 . .; : . , . 21
2 28
. 2 364,82 . .; : .
. 23 2 28
. 2 364,82
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
7 094,46 . .
, : : . , .
19 2 28
. 2 364,82 . .;
: . , . 21 2
28 .
2 364,82 . .; : . . 23
2 28
. 2 364,82 . .
, : 1 190 989,65 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 5 :
, : , . , .
94, 36498.503.2819.1 .
1)
, : , .
, . 94, 36498.503.2819.1
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
4 322,64 . .
, : 756 424,52 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 6 :
, : , . , .
1, 36498.504.3071.1 .
1)
, : , .
, . 1, 36498.504.3071.1
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
5 263,80 . .
, : 869 178,93 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: 7 :
, : , . , .
28 I- . 7 .
1)
, : , .
, . 28 I- . 7
. .
2)O (CPV)
45000000
3)
4 718,93 . .
, : 899 757,56 BGN
4)
/
: 90 ( )
5)
: , ,
III.1)
III.1.1) :
1 5 300 BGN ; 2
8 900 BGN ; 3 5 700 BGN ;
4 11 900 BGN ; 5
7 500 BGN ; 6 8 600 BGN ;
7 8 900 BGN .
,
. 60 .
IBAN
BG54FINV91503316025343; BIC FINVBGSF .
-
.
. 62 .
3 % / / .
- 1 ()
.
,
.
.
III.1.2) /
, :
, .
III.1.3) ,
, :
,
, /
.
, ,
.
III.1.4)
:
III.2)
III.2.1) ,
,
:
, , ,
, ,
.
: 1. 1
, ,
, ,
; 2. 2
,
,
; 3. 3 ,
.
,
. 47, . 1, . 1 ( ), . 2, 3 4,
. 2, . 1, 2, 2, 4 . 5 . 5 .
III.2.2)
,
: .
/ /: .
III.2.3)
,
:
1.
()
,
; 2. ,
5 ,
,
; 3. ,
( ),
, ; 4.
, -
// ; 5.
,
//; 6.
ISO 9001:2008 ,
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007 ; 7.
. 171 ,
,
,
,
.
/ /:
1.
III
,
( ) . 49, . 1 ; 2. ,
, 5
() , 2 ()
,
. *
1 1 ; 3.
, : -
,
: )
//; -
: )
//; -
, : )
//; -
,
; - ,
:)
//; -
-,
: )
//; -
,
: ) ()
; - ,
: )
//; -
,
: )
//; 4. -
/
5 . 1 .; - 5 .; -
2 .; 1 .; -
2 .; 5. 1 .; 200
..; - 2 000 ²; 5 .;
2 .; 6.
; 7.
.
III.2.4)
III.3)
III.3.1)
III.3.2),
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2) ,
IV.1.3)
IV.2)
IV.2.1)
- -
1. . 40
2. . 20
3. . 20
4. . 20
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) , :
IV.3.2)
IV.3.3)
:
7.3.2016 - 17:00
:
IV.3.4)
7.3.2016 - 17:00
IV.3.5)
IV.3.6)/, /
.
IV.3.7) ,
: 180 ( ,
)
IV.3.8)
: 8.3.2016 - 11:00
:
. , . 1, .
, :
: . 68, . 3 .
V:
VI.1)
:
VI.2)
/ , /
:
VI.3)
[9]www.karlovo.bg
[10]www.karlovo.bg ,
[11]www.karlovo.bg
.
VI.4)
VI.4.1),
. 18
1000
: [12]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [13]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.4.2)
VI.4.3),
. 18
1000
: [14]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [15]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.5) :
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bau von Fußgängerbrücken - BE-Antwerpen
Bau von Fußgängerbrücken
Bauarbeiten für Stahlbrücken
Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
Dokument Nr...: 27073-2016 (ID: 2016012709042865960)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
BE-Antwerpen: Bau von Fußgängerbrücken
2016/S 18/2016 27073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Afdeling Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
Zu Händen von: ir. Hans De Preter
2018 Antwerpen
BELGIEN
Telefon: +32 32246706
E-Mail: [4]hans.depreter@wenz.be
Fax: +32 32246725
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.wenz.be
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=225108
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
tUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45221113, 45221115, 45111000, 45112000, 45233000
Beschreibung
Bau von Fußgängerbrücken.
Bauarbeiten für Stahlbrücken.
Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung.
Aushub- und Erdbewegungsarbeiten.
Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für
Fernstraßen und Straßen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 794 887,94 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
THV BAM Contractors Aelterman
Antoon Van Osslaan 1, bus 2
1120 Brussel
BELGIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 794 887,94 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:hans.depreter@wenz.be?subject=TED
5. http://www.wenz.be/
6. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=225108
7. https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&langua
ge=nl
OT: 27/01/2016 S18 - - Werken - Award Aankondiging - Openbare
procedure
België-Antwerpen: Bouwen van voetgangersbrug
2016/S 018-027073
Aankondiging van een gegunde opdracht
Werken
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Afdeling Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
Ter attentie van: ir. Hans De Preter
2018 Antwerpen
BELGIË
Telefoon: +32 32246706
E-mail: [6]hans.depreter@wenz.be
Fax: +32 32246725
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel:
[8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=225108
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
[9]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
tUrl.do?wsName=AZS-16EI/15/52-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Boven-Zeeschelde te Wetteren Bouw van een nieuwe fietsers- en
voetgangersbrug.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Werken
NUTS-code BE2
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Boven-Zeeschelde te Wetteren. Bouw van een nieuwe fietsers- en
voetgangersbrug.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
45221113, 45221115, 45111000, 45112000, 45233000
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 4 794 887,94 EUR
Zonder btw
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
AZS-16EI/15/52-F03
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [10]2015/S 227-412409 van
24.11.2015
Afdeling V: Gunning van een opdracht
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
THV BAM Contractors Aelterman
Antoon Van Osslaan 1, bus 2
1120 Brussel
BELGIË
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 4 794 887,94 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Medizinische Verbrauchsartikel - PL-Krakau
Medizinische Verbrauchsartikel
Dokument Nr...: 27173-2016 (ID: 2016012709053266067)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
PL-Krakau: Medizinische Verbrauchsartikel
2016/S 18/2016 27173
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika
19, 31-501 Kraków, Kraków 31-501, POLEN. Telefon: +48 124247046. Fax:
+48 124247120. E-Mail: lsendo@su.krakow.pl
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.12.2015, [1]2015/S
233-423186)
Betr.:
CPV:33140000
Medizinische Verbrauchsartikel
Anstatt:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
29.1.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
29.1.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.1.2016 (12:15)
muss es heißen:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
3.2.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
3.2.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
3.2.2016 (12:25)
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423186-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 27/01/2016 S18 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Kraków: Materiay medyczne
2016/S 018-027173
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika
19, 31-501 Kraków, Kraków 31-501, POLSKA. Tel.: +48 124247046. Faks:
+48 124247120. E-mail: lsendo@su.krakow.pl
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 2.12.2015,
[1]2015/S 233-423186)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33140000
Materiay medyczne
Zamiast:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
29.1.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
29.1.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.1.2016 (12:15)
Powinno by:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
3.2.2016 (12:00)
IV.3.4) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
3.2.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
3.2.2016 (12:25)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
przetargowej.
Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen - FI-Tampere
Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
Installation von labortechnischen Anlagen
Reparatur- und Wartungsdienste
Dokument Nr...: 27273-2016 (ID: 2016012709070266172)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
FI-Tampere: Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnissen
2016/S 18/2016 27273
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
FI-33014 Tampere
FINNLAND
Weitere Auskünfte erteilen: Hansel Oy
FINNLAND
E-Mail: [4]kilpailutus@hansel.fi
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Hansel Oy
PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A
FI-00101 Helsinki
FINNLAND
Telefon: +358 294444200
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
42921100, 39000000, 51430000, 50000000
Beschreibung
Maschinen zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen
Behältnissen.
Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen
Beleuchtung) und Reinigungsmittel.
Installation von labortechnischen Anlagen.
Reparatur- und Wartungsdienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.2.2016 - 16:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Finnisch.
References
4. mailto:kilpailutus@hansel.fi?subject=TED
OT: 27/01/2016 S18 - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely
Suomi-Tampere: Pullojen tai muiden astioiden puhdistus- tai
kuivauskoneet
2016/S 018-027273
Hankintailmoitus
Tavarahankinnat
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
FI-33014 Tampere
SUOMI
Osoite, josta saa lisätietoja: Hansel Oy
SUOMI
Sähköpostiosoite: [6]kilpailutus@hansel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Hansel Oy
PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A
FI-00101 Helsinki
SUOMI
Puhelin: +358 294444200
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Koulutus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten
puolesta: ei
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
PAK 9 Pesukoneet.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tampere.
NUTS-koodi FI1
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai
dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Hankinnan kohteena ovat laboratoriovälineiden pesukoneet, pesutelineet
sekä siirtovaunu isoon pesukoneeseen.
Isoja laboratoriovälineiden pesukoneita tullaan hankkimaan kaksi
kappaletta ja pieniä laboratoriovälineiden pesukoneita kolme
kappaletta. Tämän lisäksi isoihin pesukoneisiin hankitaan yhteensä
kuusi kappaletta pesutelineitä ja yksi siirtovaunu.
Laboratoriovälineiden pesukoneiden tulee olla läpiantomallisia,
sähkökäyttöisiä, sisältää automaattisen laboratoriovälineiden pesu- ja
desinfiointiautomatiikan varustettuna kuivauksella.
Hankinta sisältää edellä mainitut laitteet, niiden toimituksen ja
asennuksen, käyttö- ja huoltokoulutuksen sekä määräaikais- ja
korjaushuoltopalvelut.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
42921100, 39000000, 51430000, 50000000
II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
(GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden
ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Ammatti- ja elinkeinorekisterimerkintä
Vaatimus
Tarjoaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- tai
elinkeinorekisteriin, jos tarjoaja on sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaan velvollinen rekisteröitymään kyseisiin
rekistereihin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee
ryhmittymän kaikkia jäseniä.
Selvitys
Tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä rekisteröitymistä koskevan vaatimuksen
ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan selvityksen rekisterimerkinnöistä.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä: Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen sekä
hankintalain poissulkemisperusteet
Vaatimus
Tarjoaja on täyttänyt verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamista
koskevat velvoitteet viimeistään tarjousajan päättymishetkellä.
Tarjoajaa ei koske hankintalain 53 §:n mukainen poissulkemisperuste.
Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia
ryhmittymän jäseniä. Vaatimuksena lisäksi on, että tarjousta tehtäessä
on huomioitu hankintalain 50 §:n mukaisesti verotukseen,
ympäristönsuojeluun ja työoloja koskeviin säännöksiin liittyvät
velvoitteet.
Selvitys
Tarjoaja, vakuuttaa, että:
1) se on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen
lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on
Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja
taikka, jos tarjoajalla on verovelkaa tai maksamattomia
sosiaaliturvamaksuja, tarjoaja on liittänyt tämän vakuutuksen
liitteeksi selvityksen verovelasta ja/tai maksamattomista
sosiaaliturvamaksuista sekä maksusuunnitelmasta.
2) tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu hankintalain 53 §:n
mukaisesta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta.
3) tarjousta laadittaessa on otettu huomioon verotusta,
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat
lakisääteiset velvoitteet.
Tarjouskilpailun voittajan on ennen hankintasopimuksen tekemistä
esitettävä edellä kohtaan 1 liittyvät todistukset, jotka
tarjouslomakkeessa annettu vakuutus korvaa. Tarjouskilpailun voittajan
on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittaessa esitettävä kohtaan 2
liittyvä todistus.
Vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky ja maksukyky
Vaatimus
Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky
sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen.
Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on
Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin riskiluokituksessa tarjousajan
päättyessä 1-4. Jos tarjoajan tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n
rekisterissä, tarjoajan tilanne arvioidaan pyydettäessä toimitettavien
tilinpäätöstietojen ja/tai muun vastaavan selvityksen perusteella. Jos
tarjous tehdään ryhmittymänä, vaatimus koskee ryhmittymän kaikkia
jäseniä.
Tarjoajat, joiden riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n
riskiluokituksessa on tarjousajan päättyessä 5 tai joiden
vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn sekä maksukyvyn arvioidaan
vastaavan riskiluokkaa 5, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.
Tarjoajat, joiden riskiluokitus on tarjousajan päättyessä 4, voidaan
sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään
luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt
luottokelpoisuuden parantamiseksi.
Selvitys
Hansel Oy selvittää Suomen Asiakastieto Oy:ltä tarjoajan Riskimittarin
riskiluokituksen ja käyttää sitä tarjoajan vakavaraisuuden,
taloudellisen kantokyvyn ja maksukykyisyyden arvioinnissa. Tarjoaja
sitoutuu toimittamaan hankintayksiölle erillisestä pyynnöstä
tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä muut
tilinpäätösasiakirjat, jos ne on julkaistava tarjoajan
sijoittumismaassa. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan yllä mainitut
asiakirjat myös, jos tarjoajan riskiluokkaa ei ole saatavilla Suomen
Asiakastieto Oy:n rekistereistä.
Vastuuvakuutus
Vaatimus
Tarjoajalla on sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevaa toimintaa
koskeva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 400 000 EUR.
Selvitys
Tarjoaja täyttää vastuuvakuutusta koskevan vaatimuksen ja toimittaa
pyynnöstä selvityksen.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten
täyttymistä:
Alihankkijat
Vaatimus
Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen
alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa. Tarjoaja sitoutuu
tarjouspyynnön liitteenä 2 olevissa sopimusehdoissa määriteltyyn
vastuuseen alihankkijoidensa toiminnasta. Tarjouksessa ilmoitetut
alihankkijat tullaan nimeämään sopimuksessa. Alihankkijoiden
muuttaminen ja vaihtaminen on vain rajoitetusti mahdollista.
Selvitys
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen selvitys mahdollisten
alihankkijoiden käyttämisestä.
Selvityksessä tulee kuvata merkittävimmät alihankkijat, jotka
osallistuvat suoraan hankinnan kohteena oleviin laitteisiin liittyvien
palveluiden (esim. kuljetus- ja asennuspalvelut) tuottamiseen.
Alihankkijoista tulee ilmoittaa seuraavat tiedot tarjouspyynnön
liitteenä 5 olevalla lomakkeella:
yrityksen nimi,
y-tunnus,
yhteyshenkilö,
yhteyshenkilön puhelinnumero,
yhteyshenkilön sähköposti,
miten ja kuinka laajasti alihankkija osallistuu hankinnan kohteena
olevien tavaroiden tuottamiseen ja toimittamiseen,
lisätiedot.
Tarjoajan kokemus laboratorion tai terveydenhuollon välinehuollossa
käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden asentamisesta
Vaatimus
Tarjoajalla on kokemusta laboratorion tai terveydenhuollon
välinehuollossa käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden
asentamisesta viimeisen kolmen vuoden ajalta.
Vähimmäisvaatimuksena on, että tarjoajalla on vähintään kaksi
referenssiä, joista kumpikin täyttää seuraavat vaatimukset:
1. Toimitus on sisältänyt vähintään yhden laitteen toimituksen ja sen
asennuksen
2. Asennettavista laitteista vähintään toinen on ollut kooltaan
tarjouspyynnön liitteessä 1 kuvatun pienen pesukoneen kokoluokkaa
3. Toimitus on valmistunut 3.2013 2.2016 välisenä aikana.
Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenet voivat täyttää
vaatimuksen yhdessä. Jos tarjoaja vetoaa tämän vaatimuksen
täyttämiseksi muiden yritysten osaamiseen ja kokemukseen, nämä
yritykset on nimettävä tarjouksessa alihankkijoiksi ja näiden yritysten
on tosiasiallisesti osallistuttava tuotteiden toimittamiseen/palvelun
tuottamiseen. Tällöin tarjoaja alihankkijoineen voi täyttää vaatimuksen
yhdessä.
Selvitys
Tarjoajalla on vaadittu kokemus laboratorion tai terveydenhuollon
välinehuollossa käytettävien pesukoneiden toimittamisesta sekä niiden
asentamisesta. Tarjoajan tulee antaa vaaditut tiedot referensseistä.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden
lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Ennakkotietoilmoitus
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [7]2015/S 211-382376 , 30.10.2015
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen
saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään
valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai
osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
asti: 30.6.2016
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä:
ei
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
Tarjouspyyntöasiakirjat voi pyytää sähköisesti osoitteesta
[8]kilpailutus@hansel.fi otsikolla ''Tampereen yliopisto, PAK 9
Pesukoneet, tarjouspyyntöaineisto".
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe - LT-Wilna
Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
Gewebe
Gummi- und Plastikstoffe
Dokument Nr...: 273-2016 (ID: 2016010209274437557)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
LT-Wilna: Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe
2016/S 1/2016 273
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
centras
302496128
Savanori pr. 231
Zu Händen von: Danguol Darakeviien
LT-02300 Vilnius
LITAUEN
Telefon: +370 52649361
E-Mail: [4]danguole.daraskeviciene@ftmc.lt
Fax: +370 52649774
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http:/www.ftmc.lt
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[5]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Weitere Auskünfte erteilen: Valstybinis mokslini tyrim institutas
Fizini ir technologijos moksl centras
302496128
Demokrat g. 53
Zu Händen von: Laima Lenkauskait
LT-48485 Kaunas
LITAUEN
Telefon: +370 37308666
E-Mail: [7]ti@ftmc.lt
Fax: +370 37308668
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir
technologijos moksl centras
302496128
Demokrat g. 53
Zu Händen von: Laima Lenkauskait
LT-48485 Kaunas
LITAUEN
Telefon: +370 37308666
Fax: +370 37308668
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
19000000, 19210000, 19500000
Beschreibung
Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe.
Gewebe.
Gummi- und Plastikstoffe.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 8.2.2016 - 14:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Litauisch. Englisch.
References
4. mailto:danguole.daraskeviciene@ftmc.lt?subject=TED
5. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
7. mailto:ti@ftmc.lt?subject=TED
OT: 02/01/2016 S1 - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
Atviras konkursas
Lietuva-Vilnius: Odos ir tekstils gaminiai, plastiko ir gumos
reikmenys
2016/S 001-000273
Skelbimas apie pirkim
Preks
Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkanioji organizacija
I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
centras
302496128
Savanori pr. 231
Kam: Danguol Darakeviien
LT-02300 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52649361
El. patas: [6]danguole.daraskeviciene@ftmc.lt
Faksas: +370 52649774
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkaniosios organizacijos adresas: http:/www.ftmc.lt
Elektronin prieiga prie informacijos:
[7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
teikimas: [8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Daugiau informacijos galima gauti i: Valstybinis mokslini tyrim
institutas Fizini ir technologijos moksl centras
302496128
Demokrat g. 53
Kam: Laima Lenkauskait
LT-48485 Kaunas
LIETUVA
Telefonas: +370 37308666
El. patas: [9]ti@ftmc.lt
Faksas: +370 37308668
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (skaitant konkurencinio
dialogo ir dinamins pirkim sistemos dokumentus) galima gauti i:
Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
centras
302496128
Demokrat g. 53
Kam: Laima Lenkauskait
LT-48485 Kaunas
LIETUVA
Telefonas: +370 37308666
Faksas: +370 37308668
I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
I.3)Pagrindin veikla
Kita: moksliniai tyrimai
I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij vardu
Perkanioji organizacija perka kit perkanij organizacij vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas
II.1)Apraymas
II.1.1)Pavadinimas, kur perkanioji organizacija suteik sutariai:
Lauko uniformos komplekt drgnam orui mediagos ir priedai.
II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
teikimo vieta
Preks
Pirkimas
Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
Valstybinis mokslini tyrim institutas Fizini ir technologijos moksl
centras, Tekstils institutas, Demokrat 53, LT-48485 Kaunas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viej sutart, preliminarj susitarim arba
dinamin pirkimo sistem (DPS)
Skelbimas susijs su vieja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarj susitarim
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas
Lauko uniformos komplekt drgnam orui mediagos ir priedai.
II.1.6)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
19000000, 19210000, 19500000
II.1.7)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
i sutartis padalyta dalis: taip
Pasilymai gali bti teikiami dl vienos ar daugiau pirkimo dali
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasilymus
Leidiama pateikti alternatyvius pasilymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybs: ne
II.2.3)Informacija apie pratsimus
i sutartis gali bti pratsta: ne
II.3)Sutarties trukm arba vykdymo terminas
Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
Informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Audiniai ir kitos
mediagos
1)Trumpas apraymas
Poliamidinis audinys,
poliamidinis audinys su polimerine danga,
poliamidinis audinys su nelaidia vandeniui polimerine danga,
erdvins struktros megztin mediaga,
tinklin megztin mediaga,
neaustin mediaga.
2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
19000000, 19210000
3)Kiekis arba apimtis
Poliamidinis audinys 9 600 m,
poliamidinis audinys su polimerine danga 1 500 m,
poliamidinis audinys su nelaidia vandeniui polimerine danga 1 000 m,
erdvins struktros megztin mediaga 500 m,
tinklin megztin mediaga 200 kg,
neaustin mediaga 300 m.
4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
dat
Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Trisluoksnis laminatas
su bikomponentine membrana
1)Trumpas apraymas
Trisluoksnis laminatas su bikomponentine membrana.
2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
19210000
3)Kiekis arba apimtis
7 200 m.
4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
dat
Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Siuvimo priedai
1)Trumpas apraymas
Kibieji tekstiliniai usegimai Velkro,
utrauktukai,
techninis diras,
elastin juosta (guma),
tekstilin juosta,
plastikin furnitra,
silai,
metalin furnitra,
sili sandarinimo juosta,
termoplastin plvel BSN-J (sausi klijai).
2)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
19500000
3)Kiekis arba apimtis
Kibieji tekstiliniai usegimai Velkro vairi ploi:
2,0 cm (velni) 1 000 m,
2,0 cm (iurkti) 1 000 m,
2,5 cm (velni) 3 350 m,
2,5 cm (iurkti) 2 875 m,
3,8 cm (velni) 200 m,
3,8 cm (iurkti) 150 m,
5,0 cm (velni) 3 000 m,
5,0 cm (iurkti) 900 m,
10,0 cm (velni) 500 m.
Utrauktukai:
plastikiniai vairi ilgi:
65 cm 21 vnt.,
68 cm 52 vnt.,
71 cm 168 vnt.,
74 cm 621 vnt.,
77 cm 681 vnt.,
80 cm 590 vnt.,
83 cm 31 vnt.,
86 cm 5 vnt.,
28 cm 45 vnt.,
30 cm 4040 vnt.,
32 cm 1670 vnt.,
36 cm 2345 vnt.,
spiraliniai vairi ilgi:
18 cm 5 370 vnt.,
20 cm 2 146 vnt.,
21 cm 4 030 vnt.,
17 cm 21 vnt.,
18 cm 225 vnt.,
19 cm 1 300 vnt.,
20 cm 486 vnt.,
21 cm 5 vnt.,
nelaids vandeniui:
27 cm 45 vnt..,
30 cm 1 660 vnt.,
33 cm 2 340 vnt.,
Techninis diras vairi ploi:
2,0 cm 450 m,
2,5 cm 1 100 m,
4,7 cm 1 200 m,
elastin juosta (guma)vairi ploi:
2,0 cm 1 500 m,
3,5 cm 1 500 m,
5,0 cm 5 400 m,
2,0 cm 420 m,
tekstilin juosta vairi ploi:
0,7 cm 850 m,
1,0 cm 7 300 m,
2,0 cm 550 m,
plastikin furnitra: 42 500 vnt.,
silai: 490 pak.,
metalin furnitra: 36 000 kompl. (4 dalys),
sili sandarinimo juosta: 50 000 m,
termoplastin plvel BSN-J (sausi klijai): 100 m.
4)Informacija apie kitoki sutarties trukms arba pradios (pabaigos)
dat
Trukm mnesiais: 3 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Perkanioji organizacija nesipareigoja nupirkti viso kiekio.
III dalis: Teisin, ekonomin, finansin ir technin informacija
III.1)Su sutartimi susijusios slygos
III.1.1)Reikalaujami ustatai ir garantijos:
Sutarties vykdymo utikrinimas netesybos.
III.1.2)Pagrindins finansavimo slygos ir atsiskaitymo tvarka bei
(arba) nuorodos atitinkamas jas reglamentuojanias nuostatas:
U pristatytas prekes Pirkjas sipareigoja sumokti Pardavjui
pagal pateikt PVM sskait faktr per 30(trisdeimt) kalendorini
dien nuo sskaitos pateikimo ir preki perdavimoprimimo akto
pasiraymo.
III.1.3)Teisin forma, kuri turi gyti kio subjekt grup, su kuria
bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos slygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos slygos: ne
III.2)Dalyvavimo slygos
III.2.1)Informacija apie asmenin kio subjekto padt, skaitant
reikalavimus, susijusius su traukimu profesinius ar prekybos
registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams: 1. Tiekjas (fizinis asmuo) arba tiekjo (juridinio
asmens) vadovas ar kins bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teis juridinio asmens vardu sudaryti sandor, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys)
teis surayti ir pasirayti tiekjo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra inyks ar panaikintas), ir dl tiekjo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u dalyvavim
nusikalstamame susivienijime, jo organizavim ar vadovavim jam, u
kyininkavim, tarpininko kyininkavim, papirkim, sukiavim,
kredito, paskolos ar tikslins paramos panaudojim ne pagal paskirt ar
nustatyt tvark, kreditin sukiavim, mokesi nesumokjim,
neteising duomen apie pajamas, peln ar turt pateikim,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim, nusikalstamu
bdu gauto turto gijim ar realizavim, nusikalstamu bdu gyt pinig
ar turto legalizavim. Dl tiekjo i kitos valstybs nra priimtas ir
siteisjs apkaltinamasis teismo nuosprendis u 31.3.2004 Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dl vieojo darb, preki
ir paslaug pirkimo sutari sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1
dalyje ivardytuose Europos Sjungos teiss aktuose apibrtus
nusikaltimus. Pateikiama: iraas i teismo sprendimo arba Informatikos
ir ryi departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar valstybs
mons Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs nustatyta
tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting
institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio alies
institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija),
iduotas ne anksiau kaip 60 dien iki pasilym pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iduotas anksiau, taiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
2. Tiekjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekjo, kuris yra juridinis
asmuo, dalyvis, turintis bals daugum juridinio asmens dalyvi
susirinkime, neturi neinykusio ar nepanaikinto teistumo u
nusikalstam bankrot. Pateikiama: iraas i teismo sprendimo arba
Informatikos ir ryi departamento prie Vidaus reikal ministerijos ar
valstybs mons Registr centro Lietuvos Respublikos Vyriausybs
nustatyta tvarka iduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetenting institucij tvarkomus duomenis, arba atitinkamos usienio
alies institucijos dokumentas, iduotas ne anksiau kaip 60 dien iki
pasilym pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas iduotas anksiau,
taiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasilym pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
3. Tiekjas turi teis verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutariai vykdyti, t.y. tiekjas yra registruotas teiss akt
nustatyta tvarka ir turi teis verstis su pirkimo objektu susijusia
veikla. Pateikiama: valstybs mons Registr centro trumpasis iraas
ir statai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekjo teis verstis
atitinkama veikla arba atitinkamos usienio alies institucijos
(profesini ar veiklos tvarkytoj, valstybs galiot institucij
paymos, kaip yra nustatyta toje valstybje, kurioje tiekjas
registruotas) iduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti
tiekjo teis verstis atitinkama veikla.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninje formoje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint vertinti atitikt
reikalavimams:
Netaikoma.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaug sutartims taikomos specialios slygos
III.3.1)Informacija apie tam tikr profesij
III.3.2)U paslaugos teikim atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedra
IV.1)Procedros tipas
IV.1.1)Procedros tipas
Atvira procedra
IV.1.2)Subjekt, kurie bus pakviesti teikti pasilymus ar dalyvauti
pirkimo procedroje, skaiiaus apribojimai
IV.1.3)Subjekt skaiiaus mainimas deryb ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Maiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracin informacija
IV.3.1)Perkaniosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
ne
IV.3.3)Specifikacij ir papildom dokument ar apraomojo dokumento
gavimo slygos
Praym pateikti dokumentus primimo ar susipainimo su dokumentais
terminas: 8.2.2016 - 14:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasilym ar paraik dalyvauti pirkimo procedroje primimo
terminas
15.2.2016 - 14:00
IV.3.5)Kvietim teikti pasilymus ar dalyvauti pirkimo procedroje
isiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai ar
paraikos dalyvauti pirkimo procedroje
lietuvi kalba. angl kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kur dalyvis privalo utikrinti
pasilymo galiojim
iki: 15.5.2016
IV.3.8)Susipainimo su pasilymais slygos
Data: 15.2.2016 - 14:00
Vieta:
A. Gotauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 233 kabinetas.
Asmenys, kuriems leidiama dalyvauti susipainimo su pasilymais
procedroje: taip
Papildoma informacija apie galiotuosius asmenis ir susipainimo su
pasilymais procedr: Tiekjai arba j galioti asmenys.
VI dalis: Papildoma informacija
VI.1)Informacija apie periodikum
Tai periodikas vieasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sjungos fond lomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Elektroninis pirkimas vykdomas tik CVP IS priemonmis, visa su pirkimu
susijusi informacija skelbiama CVP IS
([10]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)Skund pateikimo procedra
VI.4.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
VI.4.2)Skund pateikimas
Tiksli informacija apie skund pateikimo termin(-us): 1. Tiekjas,
kuris mano, kad perkanioji organizacija nesilaik LR Viej pirkim
statymo reikalavim ir tuo paeid ar paeis jo teistus interesus,
turi teis iki pirkimo sutarties sudarymo ratu CVP IS priemonmis
pareikti pretenzij perkaniajai organizacijai dl perkaniosios
organizacijos veiksm ar priimt sprendim. Pretenzijos pateikimas yra
privaloma ikiteismin gino nagrinjimo stadija.
2. Pretenzija pateikiama perkaniajai organizacijai ratu CVP IS
priemonmis. Tiekjas turi teis pateikti pretenzij perkaniajai
organizacijai, pateikti praym ar pareikti iekin teismui (iskyrus
iekin dl pirkimo sutarties pripainimo negaliojania):
2.1. per 15 dien nuo perkaniosios organizacijos praneimo ratu apie
jos priimt sprendim isiuntimo tiekjams dienos;
2.2. per 10 dien nuo paskelbimo apie perkaniosios organizacijos
priimt sprendim dienos, jeigu Viej pirkim statyme nra
reikalavimo ratu informuoti tiekjus apie perkaniosios organizacijos
priimtus sprendimus.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
VI.5)io skelbimo isiuntimo data:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Werkzeug - FR-Avignon
Werkzeug
Industrielle Maschinen
Baustoffe und Zubehör
Dokument Nr...: 27373-2016 (ID: 2016012709081466273)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
FR-Avignon: Werkzeug
2016/S 18/2016 27373
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Département de Vaucluse
rue Viala
Kontaktstelle(n): Service central des marchés
Zu Händen von: M. le président
84000 Avignon
FRANKREICH
Telefon: +33 432407953
E-Mail: [4]marches.education@vaucluse.fr
Fax: +33 432407949
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.vaucluse.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Weitere Auskünfte erteilen: Conseil départemental de Vaucluse-direction
de l'Education-sous-direction programmation et développement
rue Viala
Zu Händen von: Joëlle Roble
84909 Avignon Cedex 9
Telefon: +33 432407824
E-Mail: [7]marches.education@vaucluse.fr
Fax: +33 432407840
Internet-Adresse: [8]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Conseil départemental de Vaucluse direction des affaires
juridiques et du contentieux
rue Viala (pour un retrait sur place: 35 rue d'Annanelle entrée a
2ème étage)
Zu Händen von: Service central des marchés
84909 Avignon Cedex 9
Telefon: +33 432407954
E-Mail: [9]servicemarches@vaucluse.fr
Fax: +33 432407949
Internet-Adresse: [10]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Conseil
départemental de Vaucluse direction des affaires juridiques et du
contentieux
rue Viala (pour un dépôt sur place: 35 rue d'Annanelle entrée a
2ème étage)
Zu Händen von: Service central des marchés
84909 Avignon Cedex 9
Internet-Adresse: [11]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44510000, 42000000
Beschreibung
Werkzeug.
Industrielle Maschinen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
2.3.2016 - 15:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:marches.education@vaucluse.fr?subject=TED
5. http://www.vaucluse.fr/
6. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
7. mailto:marches.education@vaucluse.fr?subject=TED
8. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
9. mailto:servicemarches@vaucluse.fr?subject=TED
10. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
11. http://vaucluse.sudest-marchespublics.com/
OT: 27/01/2016 S18 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Avignon: Outils
2016/S 018-027373
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Département de Vaucluse
rue Viala
Point(s) de contact: Service central des marchés
À l'attention de: M. le président
84000 Avignon
FRANCE
Téléphone: +33 432407953
E-mail: [6]marches.education@vaucluse.fr
Fax: +33 432407949
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.vaucluse.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Conseil départemental de Vaucluse-direction de
l'Education-sous-direction programmation et développement
rue Viala
À l'attention de: Joëlle Roble
84909 Avignon Cedex 9
Téléphone: +33 432407824
E-mail: [9]marches.education@vaucluse.fr
Fax: +33 432407840
Adresse internet: [10]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Conseil départemental de Vaucluse direction des affaires
juridiques et du contentieux
rue Viala (pour un retrait sur place: 35 rue d'Annanelle entrée a
2ème étage)
À l'attention de: Service central des marchés
84909 Avignon Cedex 9
Téléphone: +33 432407954
E-mail: [11]servicemarches@vaucluse.fr
Fax: +33 432407949
Adresse internet: [12]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Conseil départemental de Vaucluse direction des affaires
juridiques et du contentieux
rue Viala (pour un dépôt sur place: 35 rue d'Annanelle entrée a
2ème étage)
À l'attention de: Service central des marchés
84909 Avignon Cedex 9
Adresse internet: [13]http://vaucluse.sudest-marchespublics.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Petit outillage et matériel d'entretien à destination des collèges
publics vauclusiens lot no1 outillage atelier facto.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Outillage d'atelier
lieu principal d'exécution/livraison: 36 collèges du département de
vaucluse
code nuts: fr826.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44510000, 42000000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Sans minimum sans maximum.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles: 3
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Outillage atelier facto
1)Description succincte
Outillage atelier facto.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44100000, 42000000
3)Quantité ou étendue
Marché à bons de commande suivant les dispositions de l'article 77 du
code des marchés publics, sans montant minimum ni montant maximum.
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2
1)Description succincte
Voir lot ci dessus.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44100000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les règlementent:
Ressources propres budget départemental nature: 2188- fonction: 221
opération: 6ppennet.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Paiement par mandat administratif à 30 jours à compter de la réception
de la demande de règlement.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra
produire les pièces mentionnées à l'article 8.1 « renseignements
relatifs à la candidature » du règlement de la consultation.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Prix des prestations. Pondération 60
2. Durée de garantie. Pondération 20
3. Service après-vente. Pondération 15
4. Qualité environnementale. Pondération 5
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
2.3.2016 - 15:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
la présente consultation est initiée suite à une décision de renoncer
à passer le marché pour des motifs d'intérêt général.
durée du marché ou délai d'exécution/livraison: de sa notification au
31 décembre 2016
marché à bons de commande suivant les dispositions de l'article 77 du
code des marchés publics
sans montant minimum
sans montant maximum
une visite sur site est-elle obligatoire ' non.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nimes
16 avenue Feuchères
30941 Nîmes Cedex 9
Téléphone: +33 466273700
Fax: +33 466362786
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nimes
16 avenue Feuchères
30941 Nîmes Cedex 9
Téléphone: +33 466273700
Fax: +33 466362786
VI.5)Date denvoi du présent avis:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Chemische Erzeugnisse - BG-Sofia
Chemische Erzeugnisse
Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung
Chemische Reagenzien
Laborreagenzien
Desinfektionsmittel
Medizinische Verbrauchsartikel
Dokument Nr...: 27473-2016 (ID: 2016012709100766376)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
BG-Sofia: Chemische Erzeugnisse
2016/S 18/2016 27473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na hematologichni
zabolyavaniya EAD
ul. Plovdivsko pole No. 6
Kontaktstelle(n): ul. Plovdivsko pole No. 6
Zu Händen von: Kalin Kostov
1756 Sofiya
BULGARIEN
Telefon: +359 879544761
Fax: +359 29701107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.nsbalhz.bg
Adresse des Beschafferprofils: [5]www.nsbalhz.bg
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
24000000, 33696100, 33696300, 33696500, 24455000, 33140000
Beschreibung
Chemische Erzeugnisse.
Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung.
Chemische Reagenzien.
Laborreagenzien.
Desinfektionsmittel.
Medizinische Verbrauchsartikel.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 350 405,77 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: -1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
91 010652246
. 1
1528
BULGARIEN
Telefon: +359 29446363
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 350 405,77 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 12
References
4. http://www.nsbalhz.bg/
5. http://www.nsbalhz.bg/
OT: 27/01/2016 S18 - - - -
-:
2016/S 018-027473
2004/18/
:
I.1), /
200105779
. 6
/ : . 6
:
1756
: +359 879544761
: [6]sbalhz@abv.bg
: +359 29701107
/:
: [7]www.nsbalhz.bg
: [8]www.nsbalhz.bg
I.2)
I.3)
I.4)
:
:
II.1)
II.1.1)
,
.
II.1.2) ,
,
: .
6.
NUTS BG411
II.1.3)
()
II.1.4) /
,
.
II.1.5)O (CPV)
24000000, 33696100, 33696300, 33696500, 24455000, 33140000
II.1.6) (GPA)
(GPA):
II.2) /
II.2.1) /
: 350 405,77 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
( ):
2004/18/
1)
2004/18/
:
. 90 . 1 . 2
, , , No
3-160/03.07.2015 .
. 39 . 1 . 3 -
.
IV.2)
IV.2.1)
-
1. - . 60
2. . 40
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) ,
IV.3.2)
: [9]2015/S 030-050172 12.2.2015
V:
: -1 : 1 -
: ,
V.1) :
15.10.2015
V.2)
: 7
V.3) ,
91 010652246
. 1
1528
: +359 29446363
V.4)
:
: 350 405,77 BGN
:
: 12
V.5) /
/:
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
VI.3)
VI.3.1),
. 18
1000
: [10]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [11]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bitumen und Asphalt - ES-Madrid
Bitumen und Asphalt
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
Dokument Nr...: 27573-2016 (ID: 2016012709114366473)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
ES-Madrid: Bitumen und Asphalt
2016/S 18/2016 27573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Maldonado, 58
Kontaktstelle(n): Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
28006 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 913963667
E-Mail: [4]contratacion@tragsa.es
Fax: +34 913969172
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tragsa.es
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44113600, 45233222
Beschreibung
Bitumen und Asphalt.
Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 182 406,77 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 238.196
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Construcciones Nila, S.A.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 182 406,77 EUR
References
4. mailto:contratacion@tragsa.es?subject=TED
5. http://www.tragsa.es/
6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
OT: 27/01/2016 S18 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
España-Madrid: Betún y asfalto
2016/S 018-027573
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Maldonado, 58
Punto(s) de contacto: Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
28006 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 913963667
Correo electrónico: [6]contratacion@tragsa.es
Fax: +34 913969172
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.tragsa.es
Dirección del perfil de comprador:
[8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: entidades del sector público
I.3)Principal(es) actividad(es)
Medio ambiente
Economía y Hacienda
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Celebración de un contrato mixto de suministro y construcción de firme
con aglomerado en caliente en el camino Calderón Carretón en los TT.MM.
de Benalúa-Iznalloz (Granada). Proyecto cofinanciado por la Unión
Europea: Fondos FEADER (75 %).
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: El lugar de entrega se verificará en obra, sobre medio de
transporte adecuado, en los lugares a indicar por TRAGSA.
Código NUTS ES
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Celebración de un contrato mixto de suministro y construcción de firme
con aglomerado en caliente en el camino Calderón Carretón en los TT.MM.
de Benalúa-Iznalloz (Granada). Proyecto cofinanciado por la Unión
Europea: Fondos FEADER (75 %).
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
44113600, 45233222
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 182 406,77 EUR
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
licitación
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE):
Directiva 2004/18/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para
el poder adjudicador y con arreglo a las condiciones estrictas que se
establecen en la Directiva.
Situación de extrema urgencia.
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
TSA000059356
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 238.196
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
17.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Construcciones Nila, S.A.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total final del contrato:
Valor: 182 406,77 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Spezial-Arbeitskleidung - SE-Ludvika
Spezial-Arbeitskleidung
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
Kleidung
Dokument Nr...: 27673-2016 (ID: 2016012709130766564)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
SE-Ludvika: Spezial-Arbeitskleidung
2016/S 18/2016 27673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling
Upphandlingscenter
Zu Händen von: Karolina Gistö
SE-771 82 Ludvika
SCHWEDEN
E-Mail: [4]karolina.gisto@ludvika.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announce
ment.aspx?id=24137
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
18130000, 18100000, 18300000
Beschreibung
Spezial-Arbeitskleidung.
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör.
Kleidung.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Alemdahls i Alingsås AB
SCHWEDEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:karolina.gisto@ludvika.se?subject=TED
5. https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=24137
OT: 27/01/2016 S18 - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
förfarande
Sverige-Ludvika: Specialarbetskläder
2016/S 018-027673
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Varor
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling
Upphandlingscenter
Att: Karolina Gistö
SE-771 82 Ludvika
SVERIGE
E-post: [6]karolina.gisto@ludvika.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet:
[7]https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announce
ment.aspx?id=24137
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Arbetskläder omsorgen.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Dalarnas län.
NUTS-kod SE312
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Avtalen omfattar köp av arbetskläder till kommunerna Borlänge, Falun,
Ludvika, Säter och Gagnef.
Arbetskläderna är till personal inom omsorgens olika enheter. Därutöver
kan enstaka inköp från andra verksamheter förekomma under
avtalsperioden.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
18130000, 18100000, 18300000
II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Rabatt övrigt sortiment
2. Måttbeställning
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
GNU 2014/165
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1 Benämning: Almedahls
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2)Information om anbuden
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Alemdahls i Alingsås AB
SVERIGE
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
Visma Commerce-annons: [8]http://www.opic.com/notice.asp?req=digqtxvg
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Technische Tests, Analysen und Beratung - FR-Nanterre
Technische Tests, Analysen und Beratung
Dokument Nr...: 2773-2016 (ID: 2016010609071440156)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
FR-Nanterre: Technische Tests, Analysen und Beratung
2016/S 3/2016 2773
Agence de l'eau Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, Zu Händen
von: M. Cau Gourdon Nathalie, Nanterre 92000, FRANKREICH
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 8.12.2015, [1]2015/S
237-430702)
Betr.:
CPV:71600000
Technische Tests, Analysen und Beratung
Anstatt:
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus Adresse internet:
[2]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
muss es heißen:
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus Adresse internet:
[3]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
Weitere zusätzliche Informationen
Ce rectificatif est dû à une erreur initiale de la clé de chiffrement
pour la remise des plis électronique.
Il n'y a aucune modification du Dce.
Le lien vers la nouvelle consultation où les plis électroniques doivent
être remis est le suivant:
[4]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-181871, mise en ligne le 3.12.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430702-2015:TEXT:DE:HTML
2. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
3. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
4. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
OT: 06/01/2016 S3 - - Services - Informations complémentaires -
Procédure ouverte
France-Nanterre: Services d'essais techniques, services d'analyses et
services de conseil
2016/S 003-002773
Agence de l'eau Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, À l'attention
de: M. Cau Gourdon Nathalie, Nanterre 92000, FRANCE
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 8.12.2015,
[1]2015/S 237-430702)
Objet:
CPV:71600000
Services d'essais techniques, services d'analyses et services de
conseil
Au lieu de:
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus Adresse internet:
[2]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=279351&orgAcronyme=d4t
Lire:
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus Adresse internet:
[3]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t
Autres informations complémentaires
Ce rectificatif est dû à une erreur initiale de la clé de chiffrement
pour la remise des plis électronique.
Il n'y a aucune modification du Dce.
Le lien vers la nouvelle consultation où les plis électroniques doivent
être remis est le suivant:
[4]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281207&orgAcronyme=d4t.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº
15-181871, mise en ligne le 3.12.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-Hamburg
Gebäudereinigung
Fensterreinigung
Dokument Nr...: 27773-2016 (ID: 2016012709135666658)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
DE-Hamburg: Gebäudereinigung
2016/S 18/2016 27773
Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH, Dammtorwall 46,
Technische Leitung, Zu Händen von: Herrn Dennis Just, Hamburg 20355,
DEUTSCHLAND. Telefon: 040 /357666-76. E-Mail:
reinigung@elbphilharmonie.de
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 21.1.2016, [1]2016/S
014-020494)
Betr.:
CPV:90911200, 90911300
Gebäudereinigung
Fensterreinigung
Anstatt:
Angaben zu den Losen:
Los-Nr: 1
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 23:59 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
(...)
Los-Nr: 2
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 23:59 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
(...)
Los-Nr: 3
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 23:59 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 9:00 Uhr;
(...)
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung:
10.3.2016 (23:59)
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
10.3.2016 (9:00)
muss es heißen:
Angaben zu den Losen:
Los-Nr.: 1:
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 9:00 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
(...)
Los-Nr.: 2:
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 9:00 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
(...)
Los-Nr.: 3:
5) Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen:
10.3.2016, 9:00 Uhr;
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 10.3.2016, 10:00 Uhr;
(...)
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung:
10.3.2016 (9:00)
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
10.3.2016 (10:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:020494-2016:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten - PL-Warschau
Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
Dokument Nr...: 27873-2016 (ID: 2016012709150366764)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
PL-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
2016/S 18/2016 27873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Zakad Ubezpiecze Spoecznych III, Oddzia w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
Zu Händen von: Adam Konopko
00-701 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 228904392
E-Mail: [4]adam.konopko@zus.pl
Fax: +48 228276993
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.zus.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79710000
Beschreibung
Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
9.2.2016 - 10:30
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:adam.konopko@zus.pl?subject=TED
5. http://www.zus.pl/
OT: 27/01/2016 S18 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Warszawa: Usugi ochroniarskie
2016/S 018-027873
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakad Ubezpiecze Spoecznych III, Oddzia w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
Osoba do kontaktów: Adam Konopko
00-701 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 228904392
E-mail: [6]adam.konopko@zus.pl
Faks: +48 228276993
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.zus.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: ubezpieczenia spoeczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach I,
II i III Oddziau ZUS w Warszawie oraz Oddziau ZUS w Siedlcach i
Oddziau ZUS w Radomiu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 23: Usugi detektywistyczne i ochroniarskie z
wyjtkiem usug samochodów opancerzonych
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Cz nr 1:
I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
Cz nr 2:
II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
Warszawa;
Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
Dwór Mazowiecki;
Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
Cz nr 3:
III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
Grodzisk Mazowiecki,
Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
Cz nr 4:
Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
Mazowiecki,
Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
Podlaski,
Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
Cz nr 5:
Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
I, II i III Oddziau ZUS w Warszawie oraz Oddziau ZUS w Siedlcach i
Oddziau ZUS w Radomiu.
2. Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych z podziaem na 5
Czci:
2.1. Cz nr 1: usugi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w
Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
2.2. Cz nr 2: usugi ochrony osób i mienia w II Oddziale ZUS w
Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
Warszawa;
Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
Dwór Mazowiecki;
Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to
268 705 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
wniosek Zamawiajcego).
2.3. Cz nr 3: usugi ochrony osób i mienia w III Oddziale ZUS w
Warszawie, w niej wymienionych lokalizacjach:
III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
Grodzisk Mazowiecki,
Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 247 883 rbg.
2.4. Cz nr 4: usugi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w
Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
Mazowiecki,
Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
Podlaski,
Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 91 641 rbg.
2.5. Cz nr 5: usugi ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Radomiu,
w niej wymienionych lokalizacjach:
Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 164 159 rbg.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: tak
Oferty mona skada w odniesieniu do jednej lub wicej czci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Cz nr 1:
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
Cz nr 2:
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to
268 705 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
wniosek Zamawiajcego).
Cz nr 3:
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 247 883 rbg.
Cz nr 4:
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 91 641 rbg.
Cz nr 5:
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 164 159 rbg.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
Informacje o czciach zamówienia
Cz nr: 1 Nazwa: Usugi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w
Warszawie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach I
Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
I Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8/10 oraz ul. Miodowa 5,
Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-oliborz, ul. Kasprowicza 151, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Wola, ul. Wrocawska 20, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota, ul. Orzeszkowej 14, Warszawa
Budynek I Oddziau ZUS przy ul. Goleszowskiej 2, Warszawa;
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
3)Wielko lub zakres
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to 339 482 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 150 978 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 188 504 rbg.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Cz nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
mienia w obiektach II Oddziau ZUS w Warszawie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach II
Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
II Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Podskarbiska 25, Warszawa;
Inspektorat ZUS Warszawa Praga Pónoc, ul. 11 Listopada 15a,
Warszawa;
Inspektorat ZUS w Legionowie, ul. Sowackiego 20, Legionowo;
Inspektorat ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, Otwock;
Inspektorat ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modliska 10, Nowy
Dwór Mazowiecki;
Inspektorat ZUS w Woominie, ul. Reja 20, Woomin;
Wydzia Zasików w Woominie, ul. Mieszka I nr 9, Woomin;
Archiwum Zakadowe w Legionowie, ul. Pisudskiego 43B, Legionowo.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to
268 705 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
wniosek Zamawiajcego).
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
3)Wielko lub zakres
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony w czasie realizacji
zamówienia to
268 705 rbg, w tym:
pracownik ochrony wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 32 491 rbg,
pracownik ochrony nie wpisany na list kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej: 236 214 rbg (w tym 220 rbg wzmocnienia ochrony na
wniosek Zamawiajcego).
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Cz nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
mienia w obiektach III Oddziau ZUS w Warszawie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach III
Oddziau ZUS w Warszawie w niej wymienionych lokalizacjach:
III Oddzia ZUS w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
Inspektorat ZUS w Piasecznie, ul. Puawska 34B, Piaseczno,
Inspektorat ZUS w Sochaczewie, ul. Reymonta 20, Sochaczew,
Inspektorat ZUS w Pruszkowie, ul. Oówkowa 38, Pruszków,
Inspektorat ZUS w yrardowie, ul. Bankowa 1, yrardów,
Biuro Terenowe ZUS Warszawa-Ursynów, ul. Dembego 23B, Warszawa,
Biuro Terenowe ZUS w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 45,
Grodzisk Mazowiecki,
Punkt Informacyjny ZUS w Boniu, ul. Nowakowskiego 2/4, Bonie.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 247 883 rbg.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
3)Wielko lub zakres
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 247 883 rbg.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Cz nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
mienia w obiektach Oddziau ZUS w Siedlcach
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
Oddziau ZUS w Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
Oddzia ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, Siedlce,
Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kociuszki 38A, Garwolin,
Inspektorat ZUS w Misku Mazowieckim, ul. Warszawska 84, Misk
Mazowiecki,
Inspektorat ZUS w Sokoowie Podlaskim, ul. Pisudskiego 2, Sokoów
Podlaski,
Biuro Terenowe ZUS w Wgrowie, ul. Wieniawskiego 15, Wgrów.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 91 641 rbg.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
3)Wielko lub zakres
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 91 641 rbg.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Cz nr: 5 Nazwa: Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i
mienia w obiektach Oddziau ZUS w Radomiu.
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia s usugi ochrony osób i mienia w obiektach
Oddziau ZUS w Siedlcach w niej wymienionych lokalizacjach:
Oddzia ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Radom,
Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10, Grójec,
Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43, Kozienice,
Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30, Przysucha,
Inspektorat ZUS w Szydowcu, ul. Sowiskiego 6, Szydowiec,
Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20, Zwole,
Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10, Lipsko,
Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9, Pionki.
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 164 159 rbg.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79710000
3)Wielko lub zakres
Przewidywany czny czas pracy pracowników ochrony wpisanych na list
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w czasie realizacji
zamówienia to 164 159 rbg.
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 29.2.2016. Zakoczenie 28.2.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiajcy wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
2. Wykonawca przed upywem terminu skadania ofert zobowizany jest
wnie wadium w wysokoci:
2.1. Cz nr 1: 80 000 PLN,
2.2. Cz nr 2: 70 000 PLN,
2.3. Cz nr 3: 60 000 PLN,
2.4. Cz nr 4: 20 000 PLN,
2.5. Cz nr 5: 40 000 PLN.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
2. skadaj jedn ofert, przy czym:
2.1. owiadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.2 i w ust. 2
niniejszego Rozdziau skada kady z wykonawców,
2.2. owiadczenie i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.1, 1.3 i 1.4
niniejszego Rozdziau skadaj wszyscy wykonawcy wspólnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Warunki udziau w postpowaniu:
1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mog ubiega
si wykonawcy, którzy speniaj warunki, dotyczce:
1.1. posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania:
zamawiajcy uzna, e warunek zosta speniony, jeeli wykonawca wykae,
e posiada aktualn koncesj wydan przez ministra waciwego do spraw
wewntrznych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug
ochrony osób i mienia na obszarze, na którym bdzie wykonywane
zamówienie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z pón. zm.).
1.2. posiadania wiedzy i dowiadczenia zamawiajcy uzna, e warunek
zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e w okresie ostatnich
trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wykona lub
nadal wykonuje w sposób naleyty minimum 2 usugi, wiadczone
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesicy, polegajc na
caodobowej ochronie osób i mienia w formie bezporedniej ochrony
fizycznej w budynkach uytecznoci publicznej* o rocznej wartoci umowy
nie mniejszej ni:
cz nr 1: 1 100 000 PLN brutto,
cz nr 2: 1 000 000 PLN brutto,
cz nr 3: 800 000 PLN brutto,
cz nr 4: 300 000 PLN brutto,
cz nr 5: 600 000 PLN brutto.
Wykonawca skadajc ofert na wicej ni jedn Cz, moe wskaza t
sam usug (kontrakt) do kilku Czci.
* Przez budynki uytecznoci publicznej naley rozumie obiekty
wedug definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.
1422), tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty,
szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej
lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym
usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsugi
pasaerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym ródldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje
si take budynek biurowy lub socjalny.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia: zamawiajcy nie precyzuje
szczegóowego warunku w tym zakresie.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiajcy uzna, e warunek
zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci
zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni:
cz nr 1: 1 100 000 PLN,
cz nr 2: 1 000 000 PLN,
cz nr 3: 800 000 PLN,
cz nr 4: 300 000 PLN,
cz nr 5: 600 000 PLN.
2. W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy, którzy speniaj warunek
udziau
w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Owiadczenia i dokumenty jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia speniania warunków udziau w postpowaniu:
1. W zakresie wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naley zoy:
1.1. owiadczenie wykonawcy o spenieniu warunków udziau w
postpowaniu, okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór
owiadczenia stanowi zacznik nr 2 do SIWZ;
1.2. aktualn koncesj wydan przez ministra waciwego do spraw
wewntrznych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug
ochrony osób i mienia na obszarze, na którym bdzie wykonywane
zamówienie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z pón. zm.).
1.3. wykaz wykonanych lub wykonywanych, gównych usug w okresie
ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu, wartoci, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodów, e zostay wykonane
lub s wykonywane naleycie wzór wykazu stanowi zacznik nr 3 do
SIWZ.
1.3.1. Dowodami, o których mowa w pkt 1.3 s:
a) powiadczenie, z tym, e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
b) owiadczenie wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w lit. a);
c) przypadku, gdy zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi w
wykazie zostay wczeniej wykonane, wykonawca nie ma obowizku
przedstawiania dowodów, o których mowa w lit. a) i b).
1.4. opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem
zamówienia, w wysokoci nie mniejszej ni wskazana w Rozdziale V pkt 1
ppkt 1.4 SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, naley zoy:
2.1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór owiadczenia
stanowi zacznik nr 4 do SIWZ;
2.2. aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert;
2.3. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert;
2.4. aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
2.5. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawion nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
2.6. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
2.7. list podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2015 r., poz. 184, z pón. zm.) albo informacj o tym, e nie
naley do grupy kapitaowej- wzór stanowi zacznik nr 5 do SIWZ.
3. Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2
3.1.1. w pkt 2.2-2.4 i 2.6 skada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
3.1.2. w pkt 2.5 skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotycz, w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i
11 ustawy Pzp.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1.1. lit. a) i c) oraz ust.
3.1.2. powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed
upywem terminu skadania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1.1.
lit. b), powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert.
3.3. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., zastpuje si je dokumentem
zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepis ust. 3.2. stosuje si odpowiednio.
3.4. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu zoonego przez
wykonawc majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajcy moe zwróci si do waciwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych przedoonego dokumentu.
4. Jeeli wykonawca ma siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich zawiadczenie
waciwego organu sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczce niekaralnoci tych osób, w zakresie okrelonym w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upywem terminu skadania ofert, z tym, e w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
5. W przypadku, gdy wykonawc reprezentuje penomocnik, do oferty
naley zaczy penomocnictwo, okrelajce zakres umocowania
penomocnika. Penomocnictwo winno by zoone w formie oryginau lub
kopii powiadczonej notarialnie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia:
6.1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
6.2. skadaj jedn ofert, przy czym:
6.1.1. owiadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.2 i w ust. 2
niniejszego Rozdziau skada kady z wykonawców,
6.1.2. owiadczenie i dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1.1, 1.3 i 1.4
niniejszego Rozdziau skadaj wszyscy wykonawcy wspólnie.
7. Jeeli wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
7.1. w przypadku gdy podmioty te bd bray udzia w realizacji czci
zamówienia, zamawiajcy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. 2.6.
7.2. zamawiajcy, w celu oceny, czy wykonawca bdzie dysponowa
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek czcy wykonawc z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobów, da:
7.2.1. w przypadku warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4.
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.4.
7.2.2. zoenia dokumentów dotyczcych w szczególnoci:
a) zakresu dostpnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawc, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki bdzie czy wykonawc z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
8. Forma dokumentów:
8.1. Dokumenty mog by skadane w formie oryginau lub kopii
powiadczonej za zgodno z oryginaem przez wykonawc. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na
zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s powiadczane za
zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc lub te podmioty,
natomiast zobowizanie podmiotu trzeciego do udostpnienia zasobów, na
zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca skada w
oryginale wraz z penomocnictwem, o ile sposób reprezentacji podmiotu
trzeciego nie wynika z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej.
8.2. Zamawiajcy zada przedstawienia oryginau lub notarialnie
powiadczonej kopii dokumentu wycznie wtedy, gdy zoona przez
wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci, co do
jej prawdziwoci.
8.3. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym, winny by skadane wraz z
tumaczeniem na jzyk polski.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiajcy uzna, e
warunek zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz
ni:
cz nr 1: 1 100 000 PLN,
cz nr 2: 1 000 000 PLN,
cz nr 3: 800 000 PLN,
cz nr 4: 300 000 PLN,
cz nr 5: 600 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
1.2. posiadania wiedzy i dowiadczenia zamawiajcy uzna, e warunek
zosta speniony, jeeli wykonawca wykae, e w okresie ostatnich
trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wykona lub
nadal wykonuje w sposób naleyty minimum 2 usugi, wiadczone
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesicy, polegajc na
caodobowej ochronie osób i mienia w formie bezporedniej ochrony
fizycznej w budynkach uytecznoci publicznej* o rocznej wartoci umowy
nie mniejszej ni:
cz nr 1: 1 100 000 PLN brutto,
cz nr 2: 1 000 000 PLN brutto,
cz nr 3: 800 000 PLN brutto,
cz nr 4: 300 000 PLN brutto,
cz nr 5: 600 000 PLN brutto.
Wykonawca skadajc ofert na wicej ni jedn Cz, moe wskaza t
sam usug (kontrakt) do kilku Czci.
* Przez budynki uytecznoci publicznej naley rozumie obiekty
wedug definicji zawartej w § 3 pkt 6 Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.
1422), tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty,
szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej
lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym
usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsugi
pasaerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym ródldowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uytecznoci publicznej uznaje
si take budynek biurowy lub socjalny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena oferty brutto. Waga 94
2. 1.2. Liczba osób skierowana do realizacji niniejszego zamówienia na
stanowisku pracownika ochrony, zatrudniona na podstawie umowy o prac w
przeliczeniu na peen etat. Waga 6
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
550000/271/32/2015-CZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
9.2.2016 - 10:30
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.2.2016 - 11:00
Miejscowo:
Warszawa, ul. Czerniakowska 16 (wejcie od ul. Czerniakowskiej, budynek
VGB), pitro I, pok. 109.
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupeniajcych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (dotyczy czci nr 1, 2,
3 i 4).
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [8]http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Skadanie odwoa
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [9]http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Krankenhäusern - BE-Evere
Dienstleistungen von Krankenhäusern
Dokument Nr...: 27973-2016 (ID: 2016012709160066862)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
BE-Evere: Dienstleistungen von Krankenhäusern
2016/S 18/2016 27973
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
MRMP-S/AT direction générale material resources division marchés
publics section «support systems» sous section acquisition textiles
Rue d'Evere 1
Zu Händen von: Vandenhende Paul Corneel
1140 Evere
BELGIEN
Telefon: +32 27013280
E-Mail: [4]paul.vandenhende@mil.be
Fax: +32 207014522
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=224987
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
tUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
85111000
Beschreibung
Dienstleistungen von Krankenhäusern.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 7.3.2016 - 09:15
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.3.2016 - 09:15
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch. Niederländisch.
References
4. mailto:paul.vandenhende@mil.be?subject=TED
5. http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
6. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224987
7. https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
OT: 27/01/2016 S18 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
Belgique-Evere: Services hospitaliers
2016/S 018-027973
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
MRMP-S/AT direction générale material resources division marchés
publics section «support systems» sous section acquisition textiles
Rue d'Evere 1
À l'attention de: Vandenhende Paul Corneel
1140 Evere
BELGIQUE
Téléphone: +32 27013280
E-mail: [6]paul.vandenhende@mil.be
Fax: +32 207014522
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adresse du profil dacheteur:
[8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId
=224987
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique:
[9]https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnEx
tUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-17ST400-F02
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Location, l'entretien et la livraison de linge utilisé à l'HMRA.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: B-1120 Bruxelles.
Code NUTS BE1
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Location, l'entretien et la livraison de linge utilise à l'HMRA.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
85111000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
1 lot.
Valeur estimée hors TVA:
fourchette: entre 1 et 1 000 000 EUR
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 1.1.2017. Fin 31.12.2022
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Voir CSCh.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Voir CSCh.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Voir CSCh.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Voir CSCh.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Voir CSCh.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Voir CSCh.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Voir CSCh.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Voir CSCh.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Classe: N/A, Catégorie: N/A.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
MRMP-S/AT-17ST400-F02_0
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents: 7.3.2016 - 09:15
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
8.3.2016 - 09:15
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français. néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Date: 8.3.2016 - 9:15
Lieu:
B-1140 Bruxelles
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les
modalités d'ouverture: Tout le monde.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Voir CSCh.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes - PL-Krakau
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dokument Nr...: 28073-2016 (ID: 2016012709170266958)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
PL-Krakau: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
2016/S 18/2016 28073
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich witych 3-4
Zu Händen von: Izabela Wierzbicka
31-004 Kraków
POLEN
Telefon: +48 126161811
E-Mail: [4]info@um.krakow.pl
Fax: +48 126161217
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.bip.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Gmina Miejska
Kraków, Urzd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich witych 3-4
Zu Händen von: stanowisko nr 1
31-004 Kraków
POLEN
Telefon: +48 126161488
E-Mail: [6]info@um.krakow.pl
Internet-Adresse: [7]www.bip.krakow.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79800000
Beschreibung
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:info@um.krakow.pl?subject=TED
5. http://www.bip.krakow.pl/
6. mailto:info@um.krakow.pl?subject=TED
7. http://www.bip.krakow.pl/
OT: 27/01/2016 S18 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Kraków: Usugi drukowania i powizane
2016/S 018-028073
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich witych 3-4
Osoba do kontaktów: Izabela Wierzbicka
31-004 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126161811
E-mail: [6]info@um.krakow.pl
Faks: +48 126161217
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.bip.krakow.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Gmina Miejska Kraków, Urzd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich witych 3-4
Osoba do kontaktów: stanowisko nr 1
31-004 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126161488
E-mail: [8]info@um.krakow.pl
Adres internetowy: [9]www.bip.krakow.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Przygotowanie do druku i druk gazetek dzielnicowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Kraków.
Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1. przygotowanie do druku (w tym: grafika, skad, amanie, korekta)
gazetek dzielnicowych Dzielnicy I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XII,
XVI, XVIII,
2. wykonanie druku (w tym: nawietlanie, zbieranie, falcowanie,
pakowanie) gazetek dzielnicowych Dzielnicy I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII (zwanych w treci w dalszej
czci umowy gazetkami),
zgodnie z zacznikiem nr 1 do umowy. Gazetki maj charakter biuletynów
informacyjnych. Kada gazetka posiada odrbn specyfikacj.
3. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z
zacznikami stanowicy zaczniki nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: tak
Oferty mona skada w odniesieniu do jednej lub wicej czci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Szacunkowa warto zamówienia na usugi w zakresie drukowania na 2016
r. wynosi powyej 209 000 EUR. Warto przedmiotowego zamówienia wynosi
395 476,83 z netto, w tym warto przewidywanych zamówie
uzupeniajcych 131 825,61 PLN netto.
Szacunkowa warto bez VAT: 94 727,26 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesicach: 10 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o czciach zamówienia
Cz nr: 1 Nazwa: Cz 1 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy I Stare Miasto
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy I Stare Miasto. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 10 234,55 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 30 703,66 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 2 Nazwa: Cz 2 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy II Grzegórzki
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy II Grzegórzki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 12 195,12 PLN, bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 36 585,37 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 3 Nazwa: Cz 3 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy III Prdnik Czerwony
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy III Prdnik Czerwony. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 21 951,22 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 65 853,66 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2018 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 4 Nazwa: Cz 4 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy IV Prdnik Biay
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy IV Prdnik Biay. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 16 260,16 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 48 780,49 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 5 Nazwa: Cz 5 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy V Krowodrza
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy V Krowodrza. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 8 540,65 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 25 621,95 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 6 Nazwa: Cz 6 Druk Gazetki Dzielnicy VI Bronowice
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy VI Bronowice.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 871,54 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 20 614,63 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 7 Nazwa: Cz 7 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy VII Zwierzyniec
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy VII Zwierzyniec. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 504.07 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 19 512,20 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 8 Nazwa: Cz 8 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy VIII Dbniki
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy VIII Dbniki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 10 162,60 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 30 487,80 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 9 Nazwa: Cz 9 Druk Gazetki Dzielnicy IX agiewniki-Borek
Facki
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy IX agiewniki-Borek
Facki. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy
(wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 5 284,55 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 15 853,66 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 10 Nazwa: Cz 10 Druk Gazetki Dzielnicy X Swoszowice
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy X Swoszowice.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 2 642,28 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 7 926,83 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 11 Nazwa: Cz 11 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 7 073,17 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 21 219,51 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 12 Nazwa: Cz 12 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XII Bieanów-Prokocim
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XII Bieanów-Prokocim. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 8 130,08 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 24 390,24 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 13 Nazwa: Cz 13 Druk Gazetki Dzielnicy XIII Podgórze
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy XIII Podgórze.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 4 065,04 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 12 195,12 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 14 Nazwa: Cz 14 Druk Gazetki Dzielnicy XV Mistrzejowice
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Druk Gazetki Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z
zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 3 252,03 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 9 756,10 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 15 Nazwa: Cz 15 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XVI Bieczyce
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XVI Bieczyce. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 6 219,51 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 18 658,54 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Cz nr: 16 Nazwa: Cz 16 Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku i druk Gazetki
Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy (wraz z zacznikiem) stanowicy zacznik nr 1 do
specyfikacji.
2)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
79800000
3)Wielko lub zakres
Warto przedmiotowego zamówienia zostaa wskazana poniej. Warto
zamówie uzupeniajcych nie przekroczy kwoty 2 439,02 PLN bez VAT.
Szacunkowa warto bez VAT: 7 317,07 PLN
4)Informacje o rónych datach dotyczcych czasu trwania lub
rozpoczcia/realizacji zamówienia
Rozpoczcie 1.4.2016. Zakoczenie 15.12.2016
5)Informacje dodatkowe na temat czci zamówienia
Dotyczy pkt 4) powyej: Informacje o rónych datach dotyczcych czasu
trwania lub rozpoczcia/realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy
do 15 grudnia 2016 r. z uwzgldnieniem terminów okrelonych w
zaczniku nr 1 do wzoru umowy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przed upywem terminu skadania ofert zobowizany jest wnie
wadium w wysokoci:
cz 1 200 PLN dwiecie zotych
cz 2 200 PLN dwiecie zotych
cz 3 600 PLN szeset zotych
cz 4 300 PLN trzysta zotych
cz 5 200 PLN dwiecie zotych
cz 6 100 PLN sto zotych
cz 7 100 PLN sto zotych
cz 8 200 PLN dwiecie zotych
cz 9 100 PLN sto zotych
cz 10 100 PLN sto zotych
cz 11 100 PLN sto zotych
cz 12 200 PLN dwiecie zotych
cz 13 100 PLN sto zotych
cz 14 100 PLN sto zotych
cz 15 100 PLN sto zotych
cz 16 100 PLN sto zotych
UWAGA! Wykonawca musi wnie wadium w taki sposób, aby przed upywem
terminu skadania ofert znajdowao si ono na rachunku zamawiajcego.
(UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny
podmiot, w tytule przelewu naley wyranie wskaza na rzecz jakiego
Wykonawcy wnoszone jest wadium).
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Zapata wynagrodzenia nastpi zgodnie z zapisami wzoru umowy.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: 1. W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy, którzy
speniaj wymogi okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych, zwanej dalej ustaw.
2. W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj
wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena speniania przez Wykonawców warunków o których mowa w pkt
III.2.1) ppkt 1 ogoszenia zostanie dokonana w oparciu o dokument
wymieniony w lit. A pkt 1) poniej, a warunku, o którym mowa w pkt
III.2.1) ppkt 2 ogoszenia zostanie dokonana w oparciu o dokumenty
wymienione w lit. A) pkt 2-9 poniej.
A. Wykonawca jest zobowizany zoy w ofercie:
w celu wykazania speniania przez wykonawc warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Owiadczenie Wykonawcy o spenianiu warunków udziau w postpowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wypenione i podpisane
odpowiednio przez osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy
[zacznik nr 3A (cz I) do specyfikacji] albo przez Penomocnika
reprezentujcego Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia [zacznik nr 3B (cz I) do specyfikacji],
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespenienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
2) Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy wypenione i podpisane odpowiednio przez osoby
upowanione do reprezentowania Wykonawcy [zacznik nr 3A (cz II) do
specyfikacji] albo przez Penomocnika reprezentujcego Wykonawców
wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia [zacznik nr 3B
(cz II) do specyfikacji],
3) Aktualny odpis z waciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
4) Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert.
5) Aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert.
6) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
7) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
8) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawion nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. Uwaga!
Jeeli w przypadku wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy Pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczeniej ni
6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym, e w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich
zawiadcze zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie
zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
samorzdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
9) List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy albo owiadczenie, e Wykonawca nie
naley do grupy kapitaowej podpisane przez osoby upowanione do
reprezentowania Wykonawcy, wedug wzoru stanowicego zacznik nr 5 do
specyfikacji.
10) Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunków
udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotów, które bd bray
udzia w realizacji czci zamówienia, przedkada take dokumenty
dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy okrelonym w
pkt 2) (wedug zacznika 3C do specyfikacji) i pkt 3) powyej.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
A. W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy, którzy speniaj wymogi
okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególnoci posiadaj
wiedz i dowiadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upywem
terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest
krótszy w tym okresie naleycie wykonali co najmniej 3 usugi druku
wydawnictw prasowych o cznej ich wartoci nie mniejszej ni 100 000
PLN (brutto) oraz o ich cznym nakadzie nie mniejszym ni 200 000
egzemplarzy.
B. W celu potwierdzenia spenienia warunków, o których mowa w lit. A.
powyej naley zoy wraz z ofert:
1) Wykaz wykonanych gównych usug w zakresie niezbdnym do wykazania
speniania warunku wiedzy i dowiadczenia sporzdzony wg wzoru
stanowicego zacznik nr 4 do specyfikacji;
2) Dowody, e usugi o których mowa w pkt 1) powyej zostay wykonane
naleycie: Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem na rzecz
którego usuga wskazana w wykazie zostaa wykonana, Wykonawca nie ma
obowizku przedkadania dowodów naleytego wykonania.
2.1) Powiadczenia;
Uwaga: Wykonawca w miejsce powiadcze moe zoy dokumenty (np.
referencje) potwierdzajce naleyte wykonanie usug wskazanych w
wykazie, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 19.2.2013
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane (Dz. U. z
2013 r. poz. 231).
2.2) Owiadczenia Wykonawcy o naleytym wykonaniu usug jeeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska powiadczenia, o którym mowa w pkt 2.1) powyej
3) Dowód dysponowania zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia w
przypadku polegania na zdolnociach innych podmiotów, zgodnie z art. 26
ust. 2b ustawy, w szczególnoci pisemne zobowizanie innych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia jeeli dotyczy. Uwaga: Jeeli wykonawca,
wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
tj. zgodnie z pkt 5.1. specyfikacji, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiajcy
w celu oceny, czy wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
oceny czy stosunek czcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostp do ich zasobów da przedstawienia dokumentów
dotyczcych:
3.1) zakresu dostpnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3.2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc,
przy wykonywaniu zamówienia,
3.3) charakteru stosunku, jaki bdzie czy wykonawc z tym podmiotem,
3.4) zakresu i okresu udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
OR-10.271.13.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
7.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.3.2016 - 13:00
Miejscowo:
Miejscowo: Budynek Urzdu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich witych
34, sala 306.
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogosze: I kwarta 2017 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
A. Dotyczy sekcji II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do: 15.12.2016 w
czciach 1 2 i 4 16 zamówienia, 15.12.2018 w czci 3 zamówienia
z uwzgldnieniem szczegóowych terminów okrelonych w zaczniku nr 1
do umowy dla kadej z czci zamówienia.
B. Oprócz dokumentów okrelonych w sekcji III.2) wykonawca ma obowizek
zoy w ofercie:
1) Wypeniony i podpisany przez osoby upowanione do reprezentowania
wykonawcy Formularz oferty wedug wzoru stanowicego zacznik nr 2 do
specyfikacji odpowiednio dla czci, na które Wykonawca zoy ofert.
2) Wypeniony i podpisany przez osoby upowanione do reprezentowania
wykonawcy zacznik nr 1 do wzoru umowy odpowiednio dla czci, na
które Wykonawca zoy ofert.
3) Penomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postpowaniu i zawarcia umowy, jeeli osoba
reprezentujca Wykonawc w postpowaniu o udzielenie zamówienia nie
jest wskazana jako upowaniona do jego reprezentacji we waciwym
rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci
Gospodarczej.
C. Gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji
III.2.1. lit. A pkt 3-5 i 7 skada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
odpowiednio, e:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci wystawiony
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawiony nie wczeniej
ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert.
D. Gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji
III.2.1. lit. A pkt 6 i 8 skada zawiadczenie waciwego organu
sdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed
upywem terminu skadania ofert. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w lit. D
powyej, zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie, w
którym okrela si take osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
zoone przed waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem
samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
E. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia
publicznego (np. czonkowie konsorcjum) s zobowizani ustanowi
Penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu albo do
reprezentowania ich w postpowaniu i do zawarcia umowy. W takim
przypadku oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 lit. A pkt
3-10 oraz III.2.3 lit. B oraz sekcji VI.3 lit. B powyej wykonawcy
wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego s
zobowizani do zoenia w ofercie Penomocnictwa ustanawiajcego
Penomocnika, o którym mowa powyej. Penomocnictwo zawiera powinno
umocowanie do reprezentowania w postpowaniu lub do reprezentowania w
postpowaniu i zawarcia umowy. Penomocnictwo moe by przedoone
wycznie w formie oryginau lub kopii powiadczonej przez notariusza.
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego
skadaj:
1. Kady z osobna dotyczce ich dokumenty wymienione w sekcji III.2.1.
lit. A pkt 3-9;
2. Owiadczenie Penomocnika wykonawców wspólnie ubiegajcych si o
udzielenie zamówienia wg zacznika 3 B do specyfikacji (tj.
owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu (art. 22 ust.
1 ustawy Pzp) oraz owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24
ust. 1 ustawy Pzp);
3. Dokumenty wskazane w sekcji III.2.3. lit. B pkt 1 i 2 skadaj ci z
wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, którzy
speniaj warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany
dokument;
4. Dokumenty, o których mowa w sekcji VI.3 lit. B pkt 1 i 2.
5. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1 lit. A pkt 10, sekcji
III.2.3. lit. B pkt 3, sekcji VI.3 lit.B pkt 3 jeeli dotyczy. Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które bd polegay na wiedzy i
dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.
2b ustawy Pzp), kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginaem przez Wykonawc
lub te podmioty.
F. Zamawiajcy przewiduje udzielanie zamówie uzupeniajcych, zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
G. Uwaga! Zamawiajcy wykluczy z postpowania o udzielenie zamówienia
Wykonawc, który w okresie 3 lat przed wszczciem postpowania, w
sposób zawiniony powanie naruszy obowizki zawodowe, w szczególnoci,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziaania lub racego niedbalstwa
nie wykona lub nienaleycie wykona zamówienie, co Zamawiajcy jest w
stanie wykaza za pomoc dowolnych rodków dowodowych. Zamawiajcy nie
wykluczy z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, e podj konkretne rodki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które maj zapobiec zawinionemu i powanemu naruszaniu
obowizków zawodowych w przyszoci oraz naprawi szkody powstae w
wyniku naruszenia obowizków zawodowych lub zobowiza si do ich
naprawienia.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [10]uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29.1.2004
Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 2164) czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ww.
ustawy. Odwoanie wnosi si do Prezesa
Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od
dnia przesania informacji o
czynnoci Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
zostaa przesana faksem lub drog
elektroniczn albo w terminie 15 dni od dnia przesania informacji o
czynnoci Zamawiajcego stanowicej
podstaw jego wniesienia jeeli zostaa przesana w inny sposób lub w
terminie 10 dni od dnia publikacji
ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej (jeli dotyczy treci ogoszenia o
zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia). Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu
przed upywem terminu do
wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
treci przed upywem tego terminu.
Zamawiajcy przesya niezwocznie, nie póniej ni w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopi odwoania
innym Wykonawcom uczestniczcym w postpowaniu o udzielenie zamówienia,
wzywajc wykonawców do
przystpienia do postpowania odwoawczego. Wykonawca moe zgosi
przystpienie do postpowania
odwoawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwoania,
wskazujc stron, do której przystpuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnicia na korzy strony, do której przystpuje. Zgoszenie
przystpienia dorcza
si Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesya si Zamawiajcemu
oraz Wykonawcy wnoszcemu odwoanie. Zamawiajcy lub odwoujcy, moe
zgosi opozycj przeciw
przystpieniu innego Wykonawcy nie póniej ni do czasu otwarcia
rozprawy.
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [12]uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: [13]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Straßeninstandhaltungsarbeiten - DK-Otterup
Straßeninstandhaltungsarbeiten
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 28173-2016 (ID: 2016012709184167047)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
DK-Otterup: Straßeninstandhaltungsarbeiten
2016/S 18/2016 28173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Nordfyns Kommune
Rådhuspladsen 2
Kontaktstelle(n): Nordfyns Kommune
Zu Händen von: Henrik Kubel
5450 Otterup
DÄNEMARK
Telefon: +45 43484461
E-Mail: [4]henrik.kubel@swecodanmark.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.nordfynskommune.dk
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45233141, 77310000
Beschreibung
Straßeninstandhaltungsarbeiten.
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 22 385 898 DKK
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
NCC Roads A/S Vejservice
Vestermøllevej 11
8380 Trige
DÄNEMARK
Telefon: +45 86232323
Internet-Adresse: [6]www.ncc-roads.dk
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 32 000 000 DKK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 22 385 898 DKK
ohne MwSt
References
4. mailto:henrik.kubel@swecodanmark.dk?subject=TED
5. http://www.nordfynskommune.dk/
6. http://www.ncc-roads.dk/
OT: 27/01/2016 S18 - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede
kontrakter - Offentligt udbud
Danmark-Otterup: Vejvedligeholdelse
2016/S 018-028173
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Nordfyns Kommune
Rådhuspladsen 2
Kontaktpunkt(er): Nordfyns Kommune
Att: Henrik Kubel
5450 Otterup
DANMARK
Telefon: +45 43484461
Mailadresse: [6]henrik.kubel@swecodanmark.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
[7]http://www.nordfynskommune.dk
I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders
vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand
II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Udbud af græsslåning og beplantningspleje samt tømning af vejbrønde i
Nordfyns Kommune.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
NUTS-kode DK031
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Græsslåning og beplantningspleje samt tømning af vejbrønde og
sandfangsbrønde i Nordfyns Kommune.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45233141, 77310000
II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 22 385 898 DKK
Eksklusive moms
Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
Del V: Kontrakttildeling
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16.12.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet
afgørelse om at indgå kontrakt med
NCC Roads A/S Vejservice
Vestermøllevej 11
8380 Trige
DANMARK
Telefon: +45 86232323
Internetadresse: [8]www.ncc-roads.dk
V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 32 000 000 DKK
Eksklusive moms
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 22 385 898 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i
underentreprise til tredjemand:
Andel: 10 %
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i
underentreprise: Tømning af rendestensbrønde.
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: [9]klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: [10]www.klfu.dk
VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: [11]kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: [12]www.kfst.dk
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im technischen Bereich - FR-Rouen
Dienstleistungen im technischen Bereich
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen
Diverse Brandschutzausrüstungen
Dokument Nr...: 28273-2016 (ID: 2016012709193767142)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
FR-Rouen: Dienstleistungen im technischen Bereich
2016/S 18/2016 28273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Habitat 76
17 rue de Malherbe, CS 72042
Zu Händen von: M. le directeur général d'Habitat 76
76040 Rouen Cedex 1
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71356000, 50000000, 50413200, 44480000
Beschreibung
Dienstleistungen im technischen Bereich.
Reparatur- und Wartungsdienste.
Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen.
Diverse Brandschutzausrüstungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
ISS Hygiène et prévention
1 rue Louis Joseph Gay Lussac, CS 71501
76151 La Vaupalière Cedex
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 751 092,24 EUR
References
OT: 27/01/2016 S18 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Rouen: Services techniques
2016/S 018-028273
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Habitat 76
17 rue de Malherbe, CS 72042
À l'attention de: M. le directeur général d'Habitat 76
76040 Rouen Cedex 1
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS FR232
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Maintenance et entretien multi technique incendie sur divers groupes de
la Seine-Maritime.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71356000, 50000000, 50413200, 44480000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 70
2. Valeur technique et méthodologique. Pondération 30
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15017
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 189-343061 du 30.9.2015
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Marché: MA15-068
V.1)Date d'attribution du marché:
30.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
ISS Hygiène et prévention
1 rue Louis Joseph Gay Lussac, CS 71501
76151 La Vaupalière Cedex
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 751 092,24 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Le présent marché a été attribué comme suit:
montant du prix forfaitaire annuel: 116 524,50 EUR HT montant des
prix unitaires annuel du devis quantitatif et estimatif: 71 248,56 EUR
HT La consultation du (des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse
de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent
exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce nº 15-146705, mise en ligne le 28.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
E-mail: [7]greffe.ta-rouen@juradm.fr
Téléphone: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Articles R
421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de
la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).
Articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le
référé précontractuel. Recours de pleine juridiction ouvert aux
concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique).
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Trzciel
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Waldbrandbekämpfung
Dokument Nr...: 28373-2016 (ID: 2016012709203967239)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
PL-Trzciel: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
2016/S 18/2016 28373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo
Trzciel
ul. wierczewskiego 18
Zu Händen von: Sawomir Miller, Wodzimierz Rudawski
66-320 Trzciel
POLEN
Telefon: +48 957428611
E-Mail: [4]trzciel@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957428612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]www.szczecin.lasy.gov.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77200000, 75251120
Beschreibung
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Waldbrandbekämpfung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 5 671 621,63 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum: Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul Prandoty 107,
64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 279 934,44 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Zakad Usug Lenych Silwan s.c.,Wodzimierz Nawrocki, Marian Zalewski,
omnica 16, 64-360 Zbszy
Zbszy
64-360 omnica 16
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 995 480,10 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Lene: Usugi Lene Marcin Kuska, Jabonka Stara 34, 64-361
Miedzichowo; Zakad Usug Lenych Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7,
64-310 Lwówek. Penomocnik Konsorcjum: Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia
7, 64-310 Lwówek
Lwówek
64-310 ul. 3 Stycznia 7
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 753 098,99 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul. Prandoty 107,
64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 318 501,32 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Drwal Sp. z o.o., ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel;
Przedstawiciel Damian Wojas
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 159 528,85 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Przedstawiciel
Damian Wojas
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 107 621,93 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Zakad Usug Rónych LAS Stanisaw Kulak, os. Lene 2a, 64-305 Bolewice
Bolewice
64-305 os. Lene 2a
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 57 456 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:trzciel@szczecin.lasy.gov.pl?subject=TED
5. http://www.szczecin.lasy.gov.pl/
OT: 27/01/2016 S18 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Trzciel: Usugi lenictwa
2016/S 018-028373
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe Nadlenictwo
Trzciel
ul. wierczewskiego 18
Osoba do kontaktów: Sawomir Miller, Wodzimierz Rudawski
66-320 Trzciel
POLSKA
Tel.: +48 957428611
E-mail: [6]trzciel@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 957428612
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szczecin.lasy.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: zarzdzajcy lasami stanowicymi wasno skarbu pastwa
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: gospodarka lena, gospodarowanie gruntami i innymi
nieruchomociami i ruchomociami zwizanymi z gospodark len oraz
prowadzenie ewidencji i ustalanie wartoci majtku Skarbu Pastwa w
ramach sprawowanego zarzdu
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie usug lenych w Nadlenictwie Trzciel w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Nadlenictwo Trzciel.
Kod NUTS PL431
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna,
szkókarstwa, gospodarki owieckiej i kowo-rolnej w OHZ nr 88 oraz
ochrony przeciwpoarowej lasu w zakresie obsugi PAD Trzciel i PO
Bukowiec w roku 2016.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
77200000, 75251120
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 5 671 621,63 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Dla pakietów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cena usugi. Waga 80
2. Dla pakietów nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realizacja przedmiotu
zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
Z.270.1.1.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 216-394477 z dnia 7.11.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Pakiet nr 1 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Bolków, Chociszewo, Czarny
Bocian)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum: Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul Prandoty 107,
64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 279 934,44 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Pakiet nr 2 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (czno, Jasieniec, Czarny
Dwór)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Zakad Usug Lenych Silwan s.c.,Wodzimierz Nawrocki, Marian Zalewski,
omnica 16, 64-360 Zbszy
Zbszy
64-360 omnica 16
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 995 480,10 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Pakiet nr 3 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Pszczew, Policko, Borowy
Myn)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Lene: Usugi Lene Marcin Kuska, Jabonka Stara 34, 64-361
Miedzichowo; Zakad Usug Lenych Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia 7,
64-310 Lwówek. Penomocnik Konsorcjum: Pawe Kaczmarek, ul. 3 Stycznia
7, 64-310 Lwówek
Lwówek
64-310 ul. 3 Stycznia 7
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 753 098,99 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Pakiet nr 4 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki lenej w Lenictwach: (Wyszanowo, Nowy wiat)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Zakad Usug Lenych Krokus Halina Pabin, Siercz 57, 66-320
Trzciel; Zakad Usug Lenych Edmund Pabin, Siercz 57, 66-320 Trzciel;
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Zakad Usug
Lenych Krzysztof ukaszewski, Wgrzynice 3, 66-213 Skpe; Partner
Zbigniew Wasiak, os. Jana III Sobieskiego 3B/6, 66-320 Trzciel; Zakad
Usug Lenych ZULAS Tomasz Karataj, Niedwied 7, 66-220 agów; Zakad
Usug Lenych Zdzisaw Wosiewicz, Przyprostynia, ul. Prandoty 107,
64-360 Zbszy; Zakad Usug Lenych Jan Górny, wiechocin 8, 66-330
Pszczew; Zakad Usug Lenych Janusz Hirszfeld, Dbrówka Nowa 9, 64-316
Kulin. Penomocnik Konsorcjum Damian Wojas Drwal Sp. z o.o., ul.
wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 318 501,32 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Pakiet nr 5 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki lenej w Szkóce Lenej Jasieniec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Drwal Sp. z o.o., ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel;
Przedstawiciel Damian Wojas
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 159 528,85 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Pakiet nr 6 Wykonanie usug z
zakresu gospodarki owieckiej i kowo-rolnej w OHZ nr 88
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Drwal Sp. z o.o. ul. wierczewskiego 17, 66-320 Trzciel; Przedstawiciel
Damian Wojas
Trzciel
66-320 ul. wierczewskiego 17
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 107 621,93 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Pakiet nr 7 Wykonanie usug z
zakresu ochrony przeciwpoarowej lasu w PAD Trzciel i PO Bukowiec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Zakad Usug Rónych LAS Stanisaw Kulak, os. Lene 2a, 64-305 Bolewice
Bolewice
64-305 os. Lene 2a
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 57 456 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiajcy przewiduje w stosunku do kadej czci (pakietu) moliwo
udzielenia zamówie uzupeniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp w wysokoci nie przekraczajcej 50 % wartoci zamówienia
podstawowego.
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Urzd Zamówie Publicznych, Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Herstellung von Pfählen - DE-Hamburg
Herstellung von Pfählen
Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
Bau von Kaimauern
Dokument Nr...: 28473-2016 (ID: 2016012709220567334)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
DE-Hamburg: Herstellung von Pfählen
2016/S 18/2016 28473
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung Versorgungssektoren
Bauauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb: nein
Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der
Angebote: ja
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hamburg Port Authority AöR
Neuer Wandrahm 4
Zu Händen von: Sandra Gasdorf
20457 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4042847-2796
E-Mail: [8]ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de
Fax: +49 4042847-2612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [9]www.hamburg-port-authority.de
Weitere Auskünfte erteilen: Hamburg Port Authority
Neuer Wandrahm 4
Kontaktstelle(n): Ingenieurbüro Entwicklungsvorhaben Projektpool
Zu Händen von: Herrn Mann
20457 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4042847-4165
E-Mail: [10]Christian.Mann@hpa.hamburg.de
Fax: +49 4042847-4250
Internet-Adresse: [11]http://www.hamburg-port-authority.de
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Sanierung Burchardkai LP7.
II.2)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.3)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Ersatz, Sicherung der vorhandenen Rückverankerungspfähle durch neu
herzustellende Mikropfähle;
Stahlwasserbauarbeiten (Kopfanschluss der neuen Mikropfähle).
II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45262426, 45223210, 45243600
II.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 14.3.2016
II.6)Veranschlagte Kosten und wesentliche Finanzierungsbedingungen
II.6.1)Ursprünglich veranschlagte Kosten
II.6.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.8)Zusätzliche Angaben:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Geschätzter Gesamtwert der Liefer- bzw. Dienstleistungsaufträge
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22.1.2016
Anlage
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb
oder zur Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Sanierung Burchardkai LP7.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Dienstleistung: Hamburg.
NUTS-Code DE600
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Mikropfähle: ca. 220 Stck., L=ca. 28 m, Verpresskörper ø= 25 cm,
ca. 220 Stck. stahlbaumäßiger Anschluss an vorhandene Tragbohlen,
stahlbaumäßige Ertüchtigung von ca. 15 Stck. Horizontalauflagern.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.3)Sonstige besondere Bedingungen:
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
Dienstleistung verantwortlich sind: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen
IV.3.2)Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen:
IV.3.3)Schlusstermin für den Eingang der Anträge auf Zusendung einer
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung:
IV.3.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Interessierte Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen,
dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne
spätere Veröffentlichung eines Wettbewerbsaufrufs vergeben Die
interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber zum
jetzigen Zeitpunkt nicht ihr Interesse mitteilen. Diese Vorinformation
dient lediglich zur Verkürzung der Fristen.
Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt (siehe unter Punkt II.5))
dieser Vorinformation) im Offenen Verfahren ausgeschrieben.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
References
8. mailto:ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de?subject=TED
9. http://www.hamburg-port-authority.de/
10. mailto:Christian.Mann@hpa.hamburg.de?subject=TED
11. http://www.hamburg-port-authority.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dieselöl - ES-Barcelona
Dieselöl
Dokument Nr...: 28573-2016 (ID: 2016012709232667442)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
ES-Barcelona: Dieselöl
2016/S 18/2016 28573
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Q0801576J
Vergós, 44
08017 Barcelona
SPANIEN
Telefon: +34 933663000
E-Mail: [4]contractacio@fgc.cat
Fax: +37 933663081
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.fgc.cat
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09134100
Beschreibung
Dieselöl.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 798 216,37 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 1
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Societat Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT)
av. Can Sucarrats, 128, Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
SPANIEN
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 798 216,37 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 798 216,37 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:contractacio@fgc.cat?subject=TED
5. http://www.fgc.cat/
OT: 27/01/2016 S18 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Procedimiento abierto
España-Barcelona: Gasoil
2016/S 018-028573
Anuncio de adjudicación de contrato sectores especiales
Directiva 2004/17/CE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Q0801576J
Vergós, 44
08017 Barcelona
ESPAÑA
Teléfono: +34 933663000
Correo electrónico: [6]contractacio@fgc.cat
Fax: +37 933663081
Direcciones Internet:
Dirección de la entidad adjudicadora: [7]http://www.fgc.cat
I.2)Principal(es) actividad(es)
Servicios de transporte ferroviario
I.3)Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades
adjudicadoras
La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras
entidades adjudicadoras: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Ampliación del contrato de combustible necesario para el nuevo servicio
que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: Línia Ferroviaria Lleida-La Pobla.
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones):
Ampliación del contrato de combustible necesario para el nuevo servicio
que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
09134100
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 798 216,37 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al
expediente:
MOD/2015/05
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio sobre un sistema de clasificación
Número de anuncio en el DOUE: [8]2014/S 027-043786 de 7.2.2014
Otras publicaciones anteriores
Número de anuncio en el DOUE: [9]2014/S 108-190809 de 6.6.2014
Número de anuncio en el DOUE: [10]2015/S 118-215942 de 20.6.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1)Adjudicación y valor del contrato
Contrato Nº: 1
Denominación: Ampliación del contrato de combustible necesario para el
nuevo servicio que ha de prestar FGC en la línea Lleida-La Pobla
V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
15.1.2016
V.1.2)Información sobre las ofertas
V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Societat Catalana de Petrolis, S.A. (PETROCAT)
av. Can Sucarrats, 128, Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
ESPAÑA
V.1.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 798 216,37 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 798 216,37 EUR
IVA excluido
Si se trata del valor anual o mensual:
Número de años: 1
V.1.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Via Laietana, 12 (Edificio Princesa)
08003 Barcelona
ESPAÑA
Teléfono: +34 935676300
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
22.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Lokomotiven - ES-Madrid
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Dokument Nr...: 28673-2016 (ID: 2016012709242467539)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
ES-Madrid: Reparatur und Wartung von Lokomotiven
2016/S 18/2016 28673
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. G. Área de Control de Gestión
y Compras D. General de Renfe Fabricación y Mto.
A86868239
Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
SPANIEN
Telefon: 913009944
E-Mail: [4]jacorral@renfe.es
Fax: 913009715
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.renfe.com
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50221000, 50222000
Beschreibung
Reparatur und Wartung von Lokomotiven.
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 641 387,50 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 001
Los-Nr: 004
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Actren Mantenimiento Ferrovia, S.A.
c/ Padilla, 17
28006 Madrid
SPANIEN
Telefon: 000000915010396
E-Mail: [7]MABUSTAMANTE@ACTREN.NET
Fax: 000000910085191
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 76 934 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 002
Los-Nr: 123
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Desarrollos Tec Avanzada, S.L.U.
c/ Padilla, 17
28006 Madrid
SPANIEN
Telefon: 000000915598354
E-Mail: [8]gcardenal@dtalimitada.com
Fax: 000000915477334
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 564 453,50 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:jacorral@renfe.es?subject=TED
5. http://www.renfe.com/
6. http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
7. mailto:MABUSTAMANTE@ACTREN.NET?subject=TED
8. mailto:gcardenal@dtalimitada.com?subject=TED
OT: 27/01/2016 S18 - - Servicios - Anuncio de adjudicación de
contrato - Negociado sin convocatoria de licitación
España-Madrid: Servicios de reparación y mantenimiento de locomotoras
2016/S 018-028673
Anuncio de adjudicación de contrato sectores especiales
Directiva 2004/17/CE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. G. Área de Control de Gestión
y Compras D. General de Renfe Fabricación y Mto.
A86868239
Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: 913009944
Correo electrónico: [6]jacorral@renfe.es
Fax: 913009715
Direcciones Internet:
Dirección de la entidad adjudicadora: [7]http://www.renfe.com
Dirección del perfil de comprador:
[8]http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
I.2)Principal(es) actividad(es)
Servicios de transporte ferroviario
I.3)Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades
adjudicadoras
La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras
entidades adjudicadoras: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Actividades complementarias al mantenimiento para realización de
pruebas y trabajos eléctricos e interiorismo en BMI Valladolid.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 1: Servicios de mantenimiento y reparación
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: Valladolid
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones):
Actividades complementarias al mantenimiento para realización de
pruebas y trabajos eléctricos e interiorismo en vehículos ferroviarios
de Base Mantenimiento Integral de Valladolid.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
50221000, 50222000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 641 387,50 EUR
IVA excluido
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de
licitación
Contratos que se adjudiquen en virtud de un acuerdo marco con arreglo a
la presente Directiva: sí
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al
expediente:
2015-02059
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1)Adjudicación y valor del contrato
Contrato Nº: 001
Lote Nº: 004 - Denominación: Actividades complementarias al
mantenimiento para realización de pruebas y trabajos eléctricos e
interiorismo en BMI V
V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27.10.2015
V.1.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Actren Mantenimiento Ferrovia, S.A.
c/ Padilla, 17
28006 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: 000000915010396
Correo electrónico: [9]MABUSTAMANTE@ACTREN.NET
Fax: 000000910085191
V.1.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total final del contrato:
Valor: 76 934 EUR
IVA excluido
V.1.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
V.1)Adjudicación y valor del contrato
Contrato Nº: 002
Lote Nº: 123 - Denominación: Actividades complementarias al
mantenimiento para realización de pruebas y trabajos eléctricos e
interiorismo en BMI V
V.1.1)Fecha de adjudicación del contrato:
27.10.2015
V.1.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.1.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Desarrollos Tec Avanzada, S.L.U.
c/ Padilla, 17
28006 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: 000000915598354
Correo electrónico: [10]gcardenal@dtalimitada.com
Fax: 000000915477334
V.1.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total final del contrato:
Valor: 564 453,50 EUR
IVA excluido
V.1.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no
V.1.6)Precio pagado por las compras de ocasión
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
La presente licitación se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, y respecto a las
materias a que expresamente se remite el presente anuncio por la
Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 (Rev. 01), de 30.10.2013, por
la que se aprueban las Instrucciones por las que se regulan los
Procedimientos de Contratación de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.
A. la cual se encuentra a disposición de los interesados en el Perfil
del Contratante: [11]www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
av. General Perón 38, planta 8
28020 Madrid
ESPAÑA
Correo electrónico: [12]TRIBUNAL_RECURSOS.CONTRATOS@MINHAP.ES
Teléfono: 91 349 14 46/47/51
Fax: 91 349 14 41
VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: 15 días hábiles
(artículo 104 de la Ley 31/2007).
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
15.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßentransport/-beförderung - FR-Bénesse-Maremne
Straßentransport/-beförderung
Dokument Nr...: 2873-2016 (ID: 2016010609082740228)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
FR-Bénesse-Maremne: Straßentransport/-beförderung
2016/S 3/2016 2873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Sitcom Côte Sud des Landes
62 chemin du Bayonnais
Zu Händen von: M. le président
40230 Bénesse-Maremne
FRANKREICH
Telefon: +33 558720394
E-Mail: [4]contact@sitcom40.fr
Fax: +33 558724757
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.sitcom40.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://www.marchespublics.landespublic.org
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60100000
Beschreibung
Straßentransport/-beförderung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 17:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:contact@sitcom40.fr?subject=TED
5. http://www.sitcom40.fr/
6. http://www.marchespublics.landespublic.org/
OT: 06/01/2016 S3 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
France-Bénesse-Maremne: Services de transport routier
2016/S 003-002873
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Sitcom Côte Sud des Landes
62 chemin du Bayonnais
À l'attention de: M. le président
40230 Bénesse-Maremne
FRANCE
Téléphone: +33 558720394
E-mail: [6]contact@sitcom40.fr
Fax: +33 558724757
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.sitcom40.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]http://www.marchespublics.landespublic.org
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Environnement
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Prestations de transport et stockage des REFIOM de l'unité de
valorisation énergétique (Uve) de Bénesse Maremne.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 2: Services de transports terrestres [2] , y
compris les services de véhicules blindés et les services de courrier,
à l'exclusion des transports de courrier
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Prestations de transport et stockage des REFIOM de l'unité de
valorisation énergétique (Uve) de Bénesse Maremne.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60100000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
A titre indicatif: données constructeur: 2600 tonnes par an.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Voir le règlement de consultation.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Budget propre paiement par mandat administratif à 30 jours.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Voir le règlement de consultation.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Voir le règlement de consultation.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Voir le règlement de consultation.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Voir le règlement de consultation.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
16-002
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
22.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Pau
cours Lyautey
64010 Pau
E-mail: [9]greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Pau
cours Lyautey
64010 Pau
E-mail: [10]greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.5)Date denvoi du présent avis:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von Gaszählern - CH-Basel
Installation von Gaszählern
Zähler
Elektronische Messgeräte
Dokument Nr...: 28773-2016 (ID: 2016012709254767625)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
CH-Basel: Installation von Gaszählern
2016/S 18/2016 28773
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale
Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
Weitere Auskünfte erteilen: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons
Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
Internet-Adresse:
[6]http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bau- und
Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
IWB, Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Zählerlager der IWB, Neuhausstraße 31, 4057 Basel.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Gegenstand der Beschaffung sind rund 130 Stück Großgaszähler der
Dimensionen G65 bis G2500 und rund 105 Stück Zustands-Mengenumwerter.
Optional werden pro zusätzliches Jahr jeweils rund 45 Stück
Großgaszähler der Dimensionen G65 bis G2500 und jeweils rund 35 Stück
Zustands-Mengenumwerter angefragt. Auch gehören die benötigten Hard-
und Software mit den entsprechenden Berechtigungen für die
Parametrierung sowie Eichung der Geräte zum Gegenstand der Beschaffung.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45333200, 38550000, 38552000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Sind nicht zugelassen.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:-
Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen Vorlage
einer Haftpflichtversicherung Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung
Akzeptanz des Vertragsentwurfs Nachweis eines
Qualitätssicherungssystems Vorlage Betreibungsregisterauszug
Bestätigung der Steuerbehörden Bestätigung der Ausgleichskasse
Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU Bestätigung Pensionskasse Bestätigung
Krankentaggeldversicherung Einhaltung der zwingenden technischen
Spezifikationen (muss-Kriterien) in den weiteren
Ausschreibungsunterlagen Die detaillierten Vorgaben der
Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren
Ausschreibungsunterlagen.
Subunternehmer: sind nicht zugelassen.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Eignungskriterien: gemäß Kapitel 3.8.
Geforderte Nachweise: Der Anbieter weist nach, in den letzten 5 Jahren
über mindestens zwei ausgeführten vergleichbaren Referenzaufträgen zu
verfügen, welche bezüglich Leistungsart und Leistungsumfang
(Großgaszähler zusammen mit Mengenumwerter) mit der ausgeschriebenen
Submission vergleichbar sind.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Angebotspreis
2. Technische Beurteilung
3. Referenzen
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.3)Zusätzliche Angaben
Teilangebote sind nicht zugelassen.
Kantonsblatt Basel-Stadt 06/2016; [7]www.kantonsblatt.ch
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von 10
Tagen, vom Publikationsdatum dieser Ausgabe des Kantonsblattes an
gerechnet, beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051
Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene
Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Liefertermin / Bemerkungen: .
Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt
im verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift Angebot: IWB,
Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter einzureichen und müssen
spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei der
Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen des Bau- und
Verkehrsdepartementes vorliegen. Die Angebote können per Post an die
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen geschickt (Datum des
Poststempels nicht maßgebend) oder werktags von 8:00-12:15 Uhr und
13:15-17:00 Uhr (Freitags bis 16:00 Uhr) im Kundenzentrum des Bau- und
Verkehrsdepartementes im Erdgeschoss abgegeben werden. Anbietende sind
berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der
Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im Erdgeschoss anwesend zu sein.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 23.1.2016, Dok. 897041.
Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 5.2.2016.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23.1.2016
References
6. http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
7. http://www.kantonsblatt.ch/
OT: 27/01/2016 S18 - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes
Verfahren
die Schweiz-Basel: Installation von Gaszählern
2016/S 018-028773
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale
Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
Weitere Auskünfte erteilen: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons
Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
Internet-Adresse:
[6]http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=897041
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bau- und
Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen
Münsterplatz 11
4001 Basel
SCHWEIZ
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
IWB, Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Zählerlager der IWB, Neuhausstraße 31, 4057 Basel.
NUTS-Code
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Gegenstand der Beschaffung sind rund 130 Stück Großgaszähler der
Dimensionen G65 bis G2500 und rund 105 Stück Zustands-Mengenumwerter.
Optional werden pro zusätzliches Jahr jeweils rund 45 Stück
Großgaszähler der Dimensionen G65 bis G2500 und jeweils rund 35 Stück
Zustands-Mengenumwerter angefragt. Auch gehören die benötigten Hard-
und Software mit den entsprechenden Berechtigungen für die
Parametrierung sowie Eichung der Geräte zum Gegenstand der Beschaffung.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45333200, 38550000, 38552000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Sind nicht zugelassen.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Generelle Teilnahmebedingungen:-
Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen Vorlage
einer Haftpflichtversicherung Akzeptanz der Geheimhaltungserklärung
Akzeptanz des Vertragsentwurfs Nachweis eines
Qualitätssicherungssystems Vorlage Betreibungsregisterauszug
Bestätigung der Steuerbehörden Bestätigung der Ausgleichskasse
Bestätigung SUVA bzw. BU/NBU Bestätigung Pensionskasse Bestätigung
Krankentaggeldversicherung Einhaltung der zwingenden technischen
Spezifikationen (muss-Kriterien) in den weiteren
Ausschreibungsunterlagen Die detaillierten Vorgaben der
Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren
Ausschreibungsunterlagen.
Subunternehmer: sind nicht zugelassen.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Eignungskriterien: gemäß Kapitel 3.8.
Geforderte Nachweise: Der Anbieter weist nach, in den letzten 5 Jahren
über mindestens zwei ausgeführten vergleichbaren Referenzaufträgen zu
verfügen, welche bezüglich Leistungsart und Leistungsumfang
(Großgaszähler zusammen mit Mengenumwerter) mit der ausgeschriebenen
Submission vergleichbar sind.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Angebotspreis
2. Technische Beurteilung
3. Referenzen
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.3)Zusätzliche Angaben
Teilangebote sind nicht zugelassen.
Kantonsblatt Basel-Stadt 06/2016; [7]www.kantonsblatt.ch
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von 10
Tagen, vom Publikationsdatum dieser Ausgabe des Kantonsblattes an
gerechnet, beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051
Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene
Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Liefertermin / Bemerkungen: .
Schlusstermin / Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt
im verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift Angebot: IWB,
Großgaszähler und Zustands-Mengenumwerter einzureichen und müssen
spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei der
Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen des Bau- und
Verkehrsdepartementes vorliegen. Die Angebote können per Post an die
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen geschickt (Datum des
Poststempels nicht maßgebend) oder werktags von 8:00-12:15 Uhr und
13:15-17:00 Uhr (Freitags bis 16:00 Uhr) im Kundenzentrum des Bau- und
Verkehrsdepartementes im Erdgeschoss abgegeben werden. Anbietende sind
berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der
Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im Erdgeschoss anwesend zu sein.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 23.1.2016, Dok. 897041.
Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 5.2.2016.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schleusen - DE-Heidelberg
Schleusen
Schleusentore
Bauarbeiten
Wasserbauarbeiten
Bau von Kanalschleusen
Überholungs- und Sanierungsarbeiten
Doppelböden
Installation von Elektroanlagen
Stromversorgungsanlagen
Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
Dokument Nr...: 28873-2016 (ID: 2016012809013067842)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
DE-Heidelberg: Schleusen
2016/S 19/2016 28873
Amt für Neckarausbau Heidelberg, Vangerowstraße 20, -Vergabestelle-,
Heidelberg 69115, DEUTSCHLAND. Telefon: +49 6221507401. Fax: +49
6221507455. E-Mail: vergabestelle.anh@wsv.bund.de
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 25.11.2015, [1]2015/S
228-414409)
Betr.:
CPV:44212390, 44212383, 45000000, 45240000, 45248100, 45453000,
44112220, 45311000, 45315300, 45316000
Schleusen
Schleusentore
Bauarbeiten
Wasserbauarbeiten
Bau von Kanalschleusen
Überholungs- und Sanierungsarbeiten
Doppelböden
Installation von Elektroanlagen
Stromversorgungsanlagen
Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
Anstatt:
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
28.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote:
28.1.2016 (10:00)
muss es heißen:
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
2.2.2016 (10:00)
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote:
2.2.2016 (10:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414409-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Türen - DE-Darmstadt
Türen
Einbau von Türen
Dokument Nr...: 28973-2016 (ID: 2016012809022567932)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
DE-Darmstadt: Türen
2016/S 19/2016 28973
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Klinikum Darmstadt GmbH
Grafenstraße 9
Zu Händen von: Herrn Altunok
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61511075329
E-Mail: [6]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
Fax: +49 61511075149
Weitere Auskünfte erteilen: Klinikum Darmstadt GmbH
Grafenstr. 9
Zu Händen von: Herrn Altunok
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61511075329
E-Mail: [7]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
Fax: +49 61511075149
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Klinikum Darmstadt GmbH
Grafenstr. 9
Zu Händen von: Herrn Altunok
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61511075329
E-Mail: [8]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
Fax: +49 61511075149
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Klinikum Darmstadt
GmbH
Grafenstr. 9
Zu Händen von: Herrn Altunok
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61511075329
E-Mail: [9]resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de
Fax: +49 61511075149
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: GmbH
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Holzinnentüren und Zargen BT3.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Grafenstrasse 9, 64283 Darmstadt.
NUTS-Code DE711
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Ausführungsumfang:
ca. 310 St. 1-flg. Holzinnentüren mit Stahl-Umfassungszargen mit und
ohne Schallschutzanforderungen;
ca. 95 St. 1-flg. Holzinnentüren mit Rauchschutz- und
Brandschutzanforderungen;
ca. 19 St. 1-flg. Ganzglastüren;
ca. 42 St. 1-flg. Schiebetüren, zum Teil mit Feuchtraumanforderungen.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44221200, 45421131
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 18.7.2016. Abschluss 9.6.2017
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Angaben gem. § 6 Nr. 3 Abs.
(1) VOB/A: a) Umsatz in den. letzten 3 Geschäftsjahren, Beschäftigte
gegliedert nach Berufsgruppen; Referenzen; Bescheinigung in
Steuersachen; Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
BT3-09
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 9.3.2016 - 23:59
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 4.5.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16.3.2016 - 10:00
Ort:
Gebäude 90, Kasinostraße 11, 3. OG, Sitzungszimmer Abteilung Bau.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
und ihre Bevollmächtigte.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Kostenfreier Download der Unterlagen auf:
[10]https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=CBV7IB8PMLO
B0U5Q
Nachr. HAD-Ref.: 5102/116
Nachr. V-Nr/AKZ: BT3-09.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3, Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25.1.2016
References
6. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
7. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
8. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
9. mailto:resul.altunok@mail.klinikum-darmstadt.de?subject=TED
10. https://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=CBV7IB8PMLOB0U5Q
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör - HU-Budapest
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
Schutz- und Sicherheitskleidung
Dokument Nr...: 29073-2016 (ID: 2016012809041668036)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
HU-Budapest: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
2016/S 19/2016 29073
MÁV Szolgáltató Központ Zrt., AK18003, Könyves Kálmán krt. 5460., Zu
Händen von: Huszár Tamás, Budapest 1087, UNGARN. Telefon: +36
302052663. Fax: +36 15118534. E-Mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 31.10.2015, [1]2015/S
212-384984)
Betr.:
CPV:18100000
Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
Anstatt:
II.2.1) Teljes mennyiség:
A keretszerzdés 484 707 549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.
Ebbl Ajánlatkérk 372 851 961,- Ft + ÁFA összeg erejéig vállalnak
lehívási kötelezettséget.
A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549,- FT + ÁFA) az elzetes
igényfelmérések alapján elre láthatólag az alábbi felsorolt
termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
lehívásával merül ki:
1. Részajánlat
Hosszú pamut alsónadrág 17 544 db
Téli védkabát 10 422 db
Téli védnadrág 5 916 db
Munkáskabát sötétkék 24 200 db
Munkásnadrág sötétkék 41 969 db
Munkás dzseki sötétkék 17 718 db
Melles nadrág sötétkék 26 827 db
Férfi munkaköpeny 266 db
Ni munkaköpeny rövid ujjú 48 db
Ni munkaköpeny ¾-es ujjú 437 db
Téliesített munkássapka 2 570 db
Nyári munkássapka 2 069 db
Jégering 328 db
2. Részajánlat
Vágásbiztos védkabát 353 db
Vágásbiztos védnadrág 468 db
Vágásbiztos derekas nadrág 8 db
3. Részajánlat
Savvéd dzseki 800 db
Savvéd melles-nadrág 923 db
Mindösszesen 152 867 db
Ajánlatkérk felhívják Ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
kötelezettség Ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
mintapéldányát és alapanyagvágat-mintáját.
Valamennyi mintapéldányból 1-1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50, és
jégering esetén 176/50, téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat-minta
anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
()
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
()
M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki,
melles-nadrág, téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári
munkássapka)
Hosszú pamut alsó és jégering:
Összetétel: min. 70 % pamut
Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
ujjú munkaköpeny)
Összetétel: min. 33 % pamut v. viszkóz
Területi srség: min. 160 g/m2
M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
esetén) színkövetelménye: ()
A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
1. munkáskabát (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
3. munkásdzseki (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
4. mellesnadrág (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
6. jégering: 1-es kategória;
7. téli védkabát (sötétkék) rávasalt emblémával, steppelt béléssel,
kivehet mszrme béléssel: 1-es kategória;
8. téli védnadrág: 1-es kategória;
9. téli munkássapka: 1-es kategória;
10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd mellesnadrág rávasalt
emblémával): 2-es kategória.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
beszerzésének feltételei:
20.1.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
20.1.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
5. 20.1.2016 (10:00)
12. 20.1.2016 (10:00)
24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg
térítésmentesen termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek nyertes termékek
mintapéldányainak kivételével visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
szerinti modell-leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégering esetén
176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
20.1.2016 (10:00)
muss es heißen:
II.2.1) Teljes mennyiség:
A keretszerzdés 484 707 549 HUF + áfa összegben kerül megkötésre.
Ebbl ajánlatkérk 372 851 961 HUF + áfa összeg erejéig vállalnak
lehívási kötelezettséget.
A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549 HUF + áfa) az elzetes
igényfelmérések alapján elre láthatólag az alábbi felsorolt
termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
lehívásával merül ki:
1. részajánlat:
hosszú pamut alsónadrág, 17 544 db,
téli védkabát kivehet steppelt béléssel, 10 422 db,
téli védnadrág, 5 916 db,
munkáskabát (sötétkék), 24 200 db,
munkásnadrág (sötétkék), 41 969 db,
munkásdzseki (sötétkék), 17 718 db,
melles nadrág (sötétkék), 26 827 db,
férfi munkaköpeny, 266 db,
ni munkaköpeny, rövid ujjú, 48 db,
ni munkaköpeny, ¾-es ujjú, 437 db,
téliesített munkássapka, 2 570 db,
nyári munkássapka, 2 069 db,
jégerpóló, 328 db;
2. részajánlat:
vágásbiztos védkabát, 353 db,
vágásbiztos védnadrág, 468 db,
vágásbiztos derekas nadrág, 8 db;
3. részajánlat:
savvéd dzseki, 800 db,
savvéd melles nadrág, 923 db.
Mindösszesen 52 867 db.
Ajánlatkérk felhívják ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
kötelezettség ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
mintapéldányát és alapanyagvágat mintáját.
Valamennyi mintapéldányból 1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50,
jégerpóló esetén 176/50,téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat minta
anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
()
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
()
M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, melles
nadrág, téli védkabát kivehet steppelt béléssel, téli védnadrág,
téli munkássapka, nyári munkássapka)
Hosszú pamut alsó és jégerpóló:
összetétel: min. 70 % pamut.
Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
ujjú munkaköpeny):
összetétel: min. 33 % pamut,
területi srség: min. 160 g/m².
M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
esetén) színkövetelménye: ()
M/3. A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
1. munkáskabát (sötétkék): 1-es kategória;
2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
3. munkásdzseki (sötétkék): 1-es kategória;
4. melles nadrág (sötétkék): 1-es kategória;
5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
6. jégerpóló: 1-es kategória;
7. téli védkabát (sötétkék) kivehet steppelt béléssel: 1-es
kategória;
8. téli védnadrág: 1-es kategória;
9. téliesített munkássapka: 1-es kategória;
10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd melles nadrág rávasalt
emblémával): 2-es kategória.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
beszerzésének feltételei:
25.2.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
25.2.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
5. 25.2.2016, 10:00 óra
12. 25.2.2016., 10:00 óra
24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg
térítésmentesen termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek nyertes termékek
mintapéldányainak kivételével visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
szerinti modell leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégerpóló esetén
176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
25.2.2016 (10:00)
Weitere zusätzliche Informationen
Az ajánlati dokumentáció módosuló pontjai a következk:
Útmutató az ajánlattevk részére,
Az ajánlat szakmai követelményei,
Mszaki termékleírások,
Nyilatkozatminták,
Iratjegyzék.
Ajánlatkér gazdasági szerepltl érkezett kiegészít tájékoztatás
kérésére hivatkozva, a Kbt. 45. § (3), valamint (4) bekezdésének
figyelembe vételével az ajánlattételi határidt a Kbt. 45. §(4)
bekezdésében foglaltak alapján 5.2.2016-re meghosszabbította.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384984-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 28/01/2016 S19 - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt
eljárás
Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és
kiegészítk
2016/S 019-029073
MÁV Szolgáltató Központ Zrt., AK18003, Könyves Kálmán krt. 5460.,
Címzett: Huszár Tamás, Budapest 1087, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36
302052663. Fax: +36 15118534. E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, [1]2015/S
212-384984)
Tárgy:
CPV:18100000
Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítk
A következ helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség:
A keretszerzdés 484 707 549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.
Ebbl Ajánlatkérk 372 851 961,- Ft + ÁFA összeg erejéig vállalnak
lehívási kötelezettséget.
A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549,- FT + ÁFA) az elzetes
igényfelmérések alapján elre láthatólag az alábbi felsorolt
termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
lehívásával merül ki:
1. Részajánlat
Hosszú pamut alsónadrág 17 544 db
Téli védkabát 10 422 db
Téli védnadrág 5 916 db
Munkáskabát sötétkék 24 200 db
Munkásnadrág sötétkék 41 969 db
Munkás dzseki sötétkék 17 718 db
Melles nadrág sötétkék 26 827 db
Férfi munkaköpeny 266 db
Ni munkaköpeny rövid ujjú 48 db
Ni munkaköpeny ¾-es ujjú 437 db
Téliesített munkássapka 2 570 db
Nyári munkássapka 2 069 db
Jégering 328 db
2. Részajánlat
Vágásbiztos védkabát 353 db
Vágásbiztos védnadrág 468 db
Vágásbiztos derekas nadrág 8 db
3. Részajánlat
Savvéd dzseki 800 db
Savvéd melles-nadrág 923 db
Mindösszesen 152 867 db
Ajánlatkérk felhívják Ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
kötelezettség Ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
mintapéldányát és alapanyagvágat-mintáját.
Valamennyi mintapéldányból 1-1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50, és
jégering esetén 176/50, téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat-minta
anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
()
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
()
M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki,
melles-nadrág, téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári
munkássapka)
Hosszú pamut alsó és jégering:
Összetétel: min. 70 % pamut
Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
ujjú munkaköpeny)
Összetétel: min. 33 % pamut v. viszkóz
Területi srség: min. 160 g/m2
M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
esetén) színkövetelménye: ()
A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
1. munkáskabát (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
3. munkásdzseki (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
4. mellesnadrág (sötétkék) rávasalt emblémával: 1-es kategória;
5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
6. jégering: 1-es kategória;
7. téli védkabát (sötétkék) rávasalt emblémával, steppelt béléssel,
kivehet mszrme béléssel: 1-es kategória;
8. téli védnadrág: 1-es kategória;
9. téli munkássapka: 1-es kategória;
10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd mellesnadrág rávasalt
emblémával): 2-es kategória.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
beszerzésének feltételei:
20.1.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
20.1.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
5. 20.1.2016 (10:00)
12. 20.1.2016 (10:00)
24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg
térítésmentesen termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek nyertes termékek
mintapéldányainak kivételével visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
szerinti modell-leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégering esetén
176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
20.1.2016 (10:00)
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség:
A keretszerzdés 484 707 549 HUF + áfa összegben kerül megkötésre.
Ebbl ajánlatkérk 372 851 961 HUF + áfa összeg erejéig vállalnak
lehívási kötelezettséget.
A szerzdés keretösszege (azaz 484 707 549 HUF + áfa) az elzetes
igényfelmérések alapján elre láthatólag az alábbi felsorolt
termékek, hozzávetlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek
lehívásával merül ki:
1. részajánlat:
hosszú pamut alsónadrág, 17 544 db,
téli védkabát kivehet steppelt béléssel, 10 422 db,
téli védnadrág, 5 916 db,
munkáskabát (sötétkék), 24 200 db,
munkásnadrág (sötétkék), 41 969 db,
munkásdzseki (sötétkék), 17 718 db,
melles nadrág (sötétkék), 26 827 db,
férfi munkaköpeny, 266 db,
ni munkaköpeny, rövid ujjú, 48 db,
ni munkaköpeny, ¾-es ujjú, 437 db,
téliesített munkássapka, 2 570 db,
nyári munkássapka, 2 069 db,
jégerpóló, 328 db;
2. részajánlat:
vágásbiztos védkabát, 353 db,
vágásbiztos védnadrág, 468 db,
vágásbiztos derekas nadrág, 8 db;
3. részajánlat:
savvéd dzseki, 800 db,
savvéd melles nadrág, 923 db.
Mindösszesen 52 867 db.
Ajánlatkérk felhívják ajánlattevk figyelmét, hogy a megadott
mennyiségek csak az ajánlattétel könnyítését szolgálják, lehívási
kötelezettség ajánlatkérket a mennyiséget illeten nem terheli.
III.2.3) Mszaki, illetve szakmai alkalmasság:
M2) Ajánlattevnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja
és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
alapján az ajánlatban szerepl áruk sorozatgyártást reprezentáló
mintapéldányát és alapanyagvágat mintáját.
Valamennyi mintapéldányból 1 db-ot kell csatolni középméretben (férfi
ruházat esetén 176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50,
jégerpóló esetén 176/50,téli és nyári munkássapka 58-as méretben, ni
ruházat esetén 164/48 méretben). A benyújtandó alapanyagvágat minta
anyagonként 1 fm az anyag teljes szélességében, az ajánlattevre utaló
eltávolíthatatlan jelzéssel (pl. hímzéssel).
()
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
()
M2) () Munkaruházat (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, melles
nadrág, téli védkabát kivehet steppelt béléssel, téli védnadrág,
téli munkássapka, nyári munkássapka)
Hosszú pamut alsó és jégerpóló:
összetétel: min. 70 % pamut.
Munkaköpenyek (férfi munkaköpeny, ni ¾-es ujjú munkaköpeny, ni rövid
ujjú munkaköpeny):
összetétel: min. 33 % pamut,
területi srség: min. 160 g/m².
M3) alapanyag (munkáskabát, munkásnadrág, munkásdzseki, mellesnadrág,
téli védkabát, téli védnadrág, téli munkássapka, nyári munkássapka
esetén) színkövetelménye: ()
M/3. A munkaruházat és munkavédelmi eszközök munkavédelmi fokozatai:
1. munkáskabát (sötétkék): 1-es kategória;
2. munkásnadrág (sötétkék): 1-es kategória;
3. munkásdzseki (sötétkék): 1-es kategória;
4. melles nadrág (sötétkék): 1-es kategória;
5. hosszú pamut alsónadrág: 1-es kategória;
6. jégerpóló: 1-es kategória;
7. téli védkabát (sötétkék) kivehet steppelt béléssel: 1-es
kategória;
8. téli védnadrág: 1-es kategória;
9. téliesített munkássapka: 1-es kategória;
10. nyári munkássapka: 1-es kategória;
11. munkavédelmi eszközök (vágásbiztos védkabát, vágásbiztos
védnadrág, vágásbiztos derekasnadrág): 2-es kategória;
12. savvéd ruházat (savvéd dzseki és savvéd melles nadrág rávasalt
emblémával): 2-es kategória.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít iratok vagy ismertetk
beszerzésének feltételei:
25.2.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid:
25.2.2016 (10:00)
VI.3) További információk:
5. 25.2.2016, 10:00 óra
12. 25.2.2016., 10:00 óra
24. Az ajánlattevnek az ajánlat benyújtásával egyidejleg
térítésmentesen termékenként 1-1 db, a sorozatgyártást reprezentáló
mintadarabot kell az ajánlatkérnek dokumentáltan átadnia (a
mintadarabokat az ajánlatkér az ajánlattevnek nyertes termékek
mintapéldányainak kivételével visszaszolgáltatja). Az ajánlat tárgyát
képez mintadarabokat az összehasonlíthatóság érdekében a dokumentáció
szerinti modell leírásban rögzített középméretben (férfi ruházat esetén
176/52, illetve hosszú pamut alsóból 170176/50 és jégerpóló esetén
176/50-es méretben, téli és nyári munkássapka esetén 58-as méretben,
ni ruházat esetén 164/48 méretben) kérjük elkészíteni és beadni.
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
25.2.2016 (10:00)
További információk
Az ajánlati dokumentáció módosuló pontjai a következk:
Útmutató az ajánlattevk részére,
Az ajánlat szakmai követelményei,
Mszaki termékleírások,
Nyilatkozatminták,
Iratjegyzék.
Ajánlatkér gazdasági szerepltl érkezett kiegészít tájékoztatás
kérésére hivatkozva, a Kbt. 45. § (3), valamint (4) bekezdésének
figyelembe vételével az ajánlattételi határidt a Kbt. 45. §(4)
bekezdésében foglaltak alapján 5.2.2016-re meghosszabbította.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - FI-Savonlinna
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 29173-2016 (ID: 2016012809060568155)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FI-Savonlinna: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
2016/S 19/2016 29173
Vorinformation
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27
FI-57130 Savonlinna
FINNLAND
Telefon: +358 444174982
E-Mail: [3]pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15000000
Beschreibung
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse .
References
3. mailto:pirjo.rossilahti@savonlinna.fi?subject=TED
OT: 28/01/2016 S19 - - Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman
tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta
Suomi-Savonlinna: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
2016/S 019-029173
Ennakkotietoilmoitus
Tavarahankinnat
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27
FI-57130 Savonlinna
SUOMI
Puhelin: +358 444174982
Sähköpostiosoite: [5]pirjo.rossilahti@savonlinna.fi
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II.B kohta: Hankintasopimuksen kohde (Tavarahankinnat tai palvelut)
II.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tukkukauppatuotteet.
II.2)Sopimuksen tyyppi ja toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
NUTS-koodi FI131
II.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.4)Lyhyt kuvaus tavarahankintojen tai palvelujen luonteesta ja
määrästä tai arvosta:
Hankinnan kohteena ovat tukkukauppatuotteet Savonlinnan kaupungin
seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioille 1.1.2017 alkaen.
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalista. Suora linkki tämän ilmoituksen tietoihin löytyy
Hilma-ilmoituksen lopusta:
[6]https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna/?id=52250&tpk=378cb34a-3c97-43b
3-85d9-c5fd000e2522
II.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
15000000
II.6)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä
II.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.8)Lisätiedot:
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä
koskeviin määräyksiin:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Tietoja yleisestä sääntelykehyksestä
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Konstruktionen und Teile davon - FR-Mérignac
Konstruktionen und Teile davon
Dokument Nr...: 29273-2016 (ID: 2016012809075968272)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FR-Mérignac: Konstruktionen und Teile davon
2016/S 19/2016 29273
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mindef/Armée de l'Air/Simmad/SSAM33503
MINDEF/Armée de l'air/simmad/ssam33503
Structure spécialisée d'achat et de mandatement 33.503 base aérienne
106 avenue de l'Argonne, CS 70037
Kontaktstelle(n): Bureau marchés
Zu Händen von: Le directeur de la SSAM/GAIA
33693 Mérignac
FRANKREICH
Telefon: +33 533053228
E-Mail: [4]gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr
Fax: +33 533053218
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44212300
Beschreibung
Konstruktionen und Teile davon.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.3.2016 - 11:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr?subject=TED
OT: 28/01/2016 S19 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Mérignac: Structures et pièces
2016/S 019-029273
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Mindef/Armée de l'Air/Simmad/SSAM33503
MINDEF/Armée de l'air/simmad/ssam33503
Structure spécialisée d'achat et de mandatement 33.503 base aérienne
106 avenue de l'Argonne, CS 70037
Point(s) de contact: Bureau marchés
À l'attention de: Le directeur de la SSAM/GAIA
33693 Mérignac
FRANCE
Téléphone: +33 533053228
E-mail: [6]gaia-ssam33053.resp-plan-achat.fct@intradef.gouv.fr
Fax: +33 533053218
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture de structures pare-soleil pour aéronefs militaires (avions,
hélicoptères).
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Base aérienne 106 -groupement aérien des
installations aéronautiques 11.565 magasin du gaia 227 avenue de
l'argonne, 33693 Merignac.
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture de structures pare-soleil pour aéronefs militaires (avions,
hélicoptères).
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44212300
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Ce marché ne comprend ni montant minimum ni montant maximum annuel.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles: 3
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Aucun cautionnement et garanties exigés.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Le marché est financé sur le budget du ministère de la Défense.
Sauf renonciation et conformément à l'article 87 du CMP, une avance est
versée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000
euros (H.T.) et d'une durée d'exécution supérieure à 2 mois. Cette
avance est fixée à 20 % du montant du bon de commande si la durée
prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à 12 mois.
Le délai global de paiement est de trente jours conformément au décret
no2013-269 du 29/03/2013.
Les prestations commandées au titre du marché font l'objet d'un
paiement définitif après admission des prestations conformément au CCAP
no 34 du 03 août 2015.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Aucune forme juridique est exigée.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: lettre de candidature avec, en cas de groupement,
l'habilitation du mandataire par ses co-traitants, (ou imprimé Cerfa
Dc1),
les attestations sur l'honneur justifiant que le candidat ou chaque
membre du groupement n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43 du Code des marchés publics (ou imprimé Cerfa Dc1),
tous documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager
la société (en cas de délégation, tous documents justifiant le statut
du délégant),
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Par mesure de simplification, un document pré-renseigné (Cerfa Dc2),
dûment rempli par le candidat ou chaque membre du groupement, dispense
de la transmission des documents relatifs au pouvoir de la personne à
engager la société.
Les modèles Dc1 et Dc2 sont disponibles sur le site
[7]www.economie.gouv.fr
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et
le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
les références des 3 derniers exercices (ou années) en rapport avec
l'objet du marché (indiquant le montant ou la quantité, la date et le
destinataire public ou privé),
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels pour chacune des
trois dernières années,
tout autre document jugé nécessaire à une juste appréciation des
capacités du candidat dans la limite de ceux fixés par l'article 45 du
CMP.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier non
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Prix des fournitures. Pondération 65
2. Valeur technique. Pondération 25
3. Délai de livraison. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
GAIA-SSAM-15-AOO-013
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
8.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Ce marché est un marché à bons de commande.
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le
site [8]www.marches-publics.gouv.fr
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux Cedex
E-mail: [9]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif inter-régional de règlement amiable des litiges
relatifs aux marchés publics
4b esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux Cedex
E-mail: [10]catherine.jardine@aquitaine.pref.gouv.fr
Téléphone: +33 556906530
Fax: +33 55690650
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux Cedex
E-mail: [11]greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.5)Date denvoi du présent avis:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Feuerwaffen - IT-Rom
Feuerwaffen
Dokument Nr...: 29373-2016 (ID: 2016012809085868365)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
IT-Rom: Feuerwaffen
2016/S 19/2016 29373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Approvvigionamenti
Viale XXI Aprile 51
Kontaktstelle(n): I° Sezione
00162 Roma
ITALIEN
Telefon: +39 06442239707
E-Mail: [4]Carpenito.Daniela@gdf.it
Fax: +39 0644223999
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.gdf.gov.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
35320000
Beschreibung
Feuerwaffen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 373 582,10 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
«Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
Via Pietro Beretta 18
25063 Gardone Val Trompia (BS)
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 165 575,03 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
«Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
Via Pietro Beretta 18
25063 Gardone Val Trompia (BS)
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 208 007,07 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:Carpenito.Daniela@gdf.it?subject=TED
5. http://www.gdf.gov.it/
OT: 28/01/2016 S19 - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
Negoziata senza indizione di gara
Italia-Roma: Armi da fuoco
2016/S 019-029373
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Approvvigionamenti
Viale XXI Aprile 51
Punti di contatto: I° Sezione
00162 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06442239707
Posta elettronica: [6]Carpenito.Daniela@gdf.it
Fax: +39 0644223999
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.gdf.gov.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
I.3)Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di materiale d'armamento.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Gardone Val Trompia (BS).
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di pistole Beretta mod. 92FS e relativi accessori.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
35320000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 373 582,10 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di n. 377 pistole Beretta mod.
92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 754 pistole
Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 3
caricatori aggiuntivi. CIG: 6437183375
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10.12.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
«Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
Via Pietro Beretta 18
25063 Gardone Val Trompia (BS)
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 165 575,03 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 2 Denominazione: Fornitura di n. 473 pistole Beretta mod.
92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 946 pistole
Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 25
caricatori aggiuntivi. CIG: 6473512F15
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
21.12.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
«Fabbrica d'armi Pietro Beretta» SpA
Via Pietro Beretta 18
25063 Gardone Val Trompia (BS)
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 208 007,07 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Notifica
entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
Vedasi punto I.1)
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Antineoplastische Mittel - ES-Madrid
Antineoplastische Mittel
Dokument Nr...: 29473-2016 (ID: 2016012809100968460)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
ES-Madrid: Antineoplastische Mittel
2016/S 19/2016 29473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Hospital Clinico San Carlos de Madrid
c/ Profesor Martín Lagos, s/n
Zu Händen von: Araceli Casado Adrados
28040 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 913303017
E-Mail: [4]araceli.casado@salud.madrid.org
Fax: +34 913303062
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33652100
Beschreibung
Antineoplastische Mittel.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 979 220,05 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: PNSP 2015-1-068
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Roche Pharma, S.A.
c/ Eucalipto, 33
28016 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 913248100
Fax: +34 913248350
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 806 239,60 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 979 220,05 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 4
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:araceli.casado@salud.madrid.org?subject=TED
OT: 28/01/2016 S19 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Adjudicación de contrato sin publicación previa
España-Madrid: Agentes antineoplásicos
2016/S 019-029473
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Hospital Clinico San Carlos de Madrid
c/ Profesor Martín Lagos, s/n
A la atención de: Araceli Casado Adrados
28040 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 913303017
Correo electrónico: [6]araceli.casado@salud.madrid.org
Fax: +34 913303062
I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Salud
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
PNSP 2015-1-068 Suministro de medicamentos: Avastin.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Código NUTS
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Pnsp 2015-1-068 Suministro de medicamentos: Avastin.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33652100
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 1 979 220,05 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de un anuncio de
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en los casos
enumerados en la sección 2 del anexo D1)
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de
un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE):
Directiva 2004/18/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo
dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
Los productos de que se trate se fabrican únicamente con fines de
investigación, experimentación, estudio o desarrollo en las condiciones
que se establecen en la Directiva.
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
pnsp 2015-1-068
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: PNSP 2015-1-068
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
1.12.2015
V.2)Información sobre las ofertas
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Roche Pharma, S.A.
c/ Eucalipto, 33
28016 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 913248100
Fax: +34 913248350
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 3 806 239,60 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
Valor total final del contrato:
Valor: 1 979 220,05 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 4
Si se trata del valor anual o mensual:
Número de años: 1
V.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribuna Administrativo de Contratación Pública
Carrera de San Jerónimo, 13 1ª planta
28014 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 917206346
Fax: +34 911206347
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Laborreagenzien - CY-Nikosia
Laborreagenzien
Dokument Nr...: 29573-2016 (ID: 2016012809111268556)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
CY-Nikosia: Laborreagenzien
2016/S 19/2016 29573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ypoyrgeio Ygeias
Prodromoy 1 kai Cheilonos 17
1448 Leykosia
ZYPERN
Telefon: +357 22605667
Fax: +357 22605488
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [4]http://www.eprocurement.gov.cy
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[5]http://www.eprocurement.gov.cy
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[6]http://www.eprocurement.gov.cy
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33696500
Beschreibung
Laborreagenzien.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 040 304 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Scientronics Ltd
7,
2233
ZYPERN
E-Mail: [7]a.sarpetsas@biotronics.com.cy
Telefon: +357 22467880
Internet-Adresse: [8]http://www.scientronics.com/
Fax: +357 22764614
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 040 304 EUR
References
4. http://www.eprocurement.gov.cy/
5. http://www.eprocurement.gov.cy/
6. http://www.eprocurement.gov.cy/
7. mailto:a.sarpetsas@biotronics.com.cy?subject=TED
8. http://www.scientronics.com/
OT: 28/01/2016 S19 - - - -
-:
2016/S 019-029573
2004/18/
I:
I.1),
1 17
1448
: +357 22605667
: [6]perm.sec@moh.gov.cy
: +357 22605488
(-) :
: [7]http://www.eprocurement.gov.cy
: [8]http://www.eprocurement.gov.cy
:
[9]http://www.eprocurement.gov.cy
I.2)
,
I.3)
I.4)
II:
II.1)
II.1.1)
, ..35/14.
II.1.2) ,
NUTS CY000
II.1.3)
()
II.1.4)
, ..35/14.
II.1.5) (CPV)
33696500
II.1.6) (GPA)
II.2) /
II.2.1) /
: 1 040 304 EUR
IV:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
1. . 60
2. . 40
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
V:
: 1
V.1) :
13.7.2015
V.2)
V.3)
Scientronics Ltd
7,
2233
: [10]a.sarpetsas@biotronics.com.cy
: +357 22467880
: [11]http://www.scientronics.com/
: +357 22764614
V.4)
:
: 1 040 304 EUR
V.5)
VI:
VI.1)
/
:
VI.2) :
VI.3)
VI.3.1)
81-83, 2 .. 24820
1304
: [12]tra@aap.gov.cy
: +357 22445100
: [13]http://www.tra.gov.cy
: +357 22445107
VI.3.2)
( )
: 1. ,
,
,
2010 (.104()/2010).
2. ,
.
[14]www.tra.gov.cy
3. ,
,
2010 (.104()/2010).
VI.3.3)
81-83, 2 .. 24820
1304
: [15]tra@aap.gov.cy
: +357 22445100
: [16]http://www.tra.gov.cy
: +357 22445107
VI.4) :
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Textilreinigung - FI-Kajaani
Textilreinigung
Dokument Nr...: 29673-2016 (ID: 2016012809121068660)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FI-Kajaani: Textilreinigung
2016/S 19/2016 29673
Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas, PL 133, FI Kajaani 87101,
FINNLAND. Telefon: +358 444214180. E-Mail: erja.tuovinen@kajaani.fi
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.1.2016, [1]2016/S
017-025964)
Betr.:
CPV:98312000
Textilreinigung
Anstatt:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle 1.4.2016
31.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus.
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
tästä Hilma-ilmoituksesta:
[2]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
212-f0eb918591e1
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
3.3.2016 (9:00)
muss es heißen:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle
1.4.201631.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus
Korjausilmoitus / 26.1.2016:
1. Pesulapalvelut -kohderyhmän virheelliset määrätiedot korjattu
(hankinnan kohteen kriteerit).
2. Määräaikaa jatkettu (Hilma lomakkeen kohta
IV.3.4)
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
tästä Hilma-ilmoituksesta:
[3]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
212-f0eb918591e1
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
8.3.2016 (9:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025964-2016:TEXT:DE:HTML
2. https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a212-f0eb918591e1
3. https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a212-f0eb918591e1
OT: 28/01/2016 S19 - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin
menettely
Suomi-Kajaani: Tekstiilien puhdistuspalvelut
2016/S 019-029673
Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas, PL 133, FI Kajaani 87101,
SUOMI. Puhelin: +358 444214180. Sähköpostiosoite:
erja.tuovinen@kajaani.fi
(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 26.1.2016, [1]2016/S
017-025964)
Viite:
CPV:98312000
Tekstiilien puhdistuspalvelut
Oikaistava tieto:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle 1.4.2016
31.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus.
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
tästä Hilma-ilmoituksesta:
[2]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
212-f0eb918591e1
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
3.3.2016 (9:00)
Oikaisu:
II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Kajaanin kaupungin hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen
pesula- ja tekstiilivuokrauspalveluista sopimuskaudelle
1.4.201631.3.2018 + kahden (1 + 1) vuoden optiomahdollisuus
Korjausilmoitus / 26.1.2016:
1. Pesulapalvelut -kohderyhmän virheelliset määrätiedot korjattu
(hankinnan kohteen kriteerit).
2. Määräaikaa jatkettu (Hilma lomakkeen kohta
IV.3.4)
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi
-toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys
tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät
tästä Hilma-ilmoituksesta:
[3]https://tarjouspalvelu.fi/kajaani/?id=49848&tpk=3133d018-3721-4b32-a
212-f0eb918591e1
IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen
määräaika:
8.3.2016 (9:00)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Personensonderbeförderung (Straße) - FR-Magny-en-Vexin
Personensonderbeförderung (Straße)
Dokument Nr...: 2973-2016 (ID: 2016010609095040324)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
FR-Magny-en-Vexin: Personensonderbeförderung (Straße)
2016/S 3/2016 2973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Group hospit. intercom du Vexin
38 rue Carnot, BP 50039
Zu Händen von: Mme Alisse
95420 Magny-en-Vexin
FRANKREICH
Telefon: +33 134794419
E-Mail: [4]catherine.lecreux@ghi-vexin.fr
Fax: +33 134794480
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60130000
Beschreibung
Personensonderbeförderung (Straße).
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ambulance du Vexin
60 rue de Beauvais
95420 Magny-en-Vexin
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ambulance du Vexin
60 rue de Beauvais
95420 Magny-en-Vexin
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ambulance d'Herblay
36 rue Jean Leclaire
95226 Herblay Cedex
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:catherine.lecreux@ghi-vexin.fr?subject=TED
OT: 06/01/2016 S3 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Magny-en-Vexin: Services spécialisés de transport routier de
passagers
2016/S 003-002973
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Group hospit. intercom du Vexin
38 rue Carnot, BP 50039
À l'attention de: Mme Alisse
95420 Magny-en-Vexin
FRANCE
Téléphone: +33 134794419
E-mail: [6]catherine.lecreux@ghi-vexin.fr
Fax: +33 134794480
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Transports sanitaires en ambulance et VSL
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Aincourt Magny-en-Vexin et Marines.
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Transports sanitaires en ambulance et VSL.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60130000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. 50 % des moyens mis à la disposition du GHIV (parc de véhicules et
équipements, effectifs et qualifications du personnel, lieu de
stationnement des véhicules)
2. 30 % de l'engagement de qualité de la prestation (ponctualité,
service auprès du patient)
3. 20 % du tarif des prestations
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
22 OCTOBRE 2015
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 208-377797 du 27.10.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Transports de jour en ambulance et VSL du site
Aincourt vers toute destination en Île-de-France et ses départements
limitrophes
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Ambulance du Vexin
60 rue de Beauvais
95420 Magny-en-Vexin
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 2 - Intitulé: Transports de jour en ambulances et VSL du site
de Magny vers toute destination située en Île-de-France et ses
départements limitrophes
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Ambulance du Vexin
60 rue de Beauvais
95420 Magny-en-Vexin
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Lot nº: 3 - Intitulé: Transport de jour en ambulances et VSL du site de
Marines vers toute destination située en Magny-en-Vexin et ses
départements limitrophes
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Ambulance d'Herblay
36 rue Jean Leclaire
95226 Herblay Cedex
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-161883, mise en ligne le 23.10.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Restaurant- und Bewirtungsdienste - PL-Warschau
Restaurant- und Bewirtungsdienste
Dokument Nr...: 29773-2016 (ID: 2016012809133068760)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
PL-Warschau: Restaurant- und Bewirtungsdienste
2016/S 19/2016 29773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Zakad Ubezpiecze Spoecznych
ul. Szamocka 3, 5
Zu Händen von: Marzena Gawlik
01-748 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 226671727
E-Mail: marzena.gawlik@zus.pl z zastrzeeniem sekcji VI.3)
Fax: +48 226671733/36
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.zus.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
55300000
Beschreibung
Restaurant- und Bewirtungsdienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 15.2.2016 - 09:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 09:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. http://www.zus.pl/
OT: 28/01/2016 S19 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Warszawa: Usugi restauracyjne i dotyczce podawania posików
2016/S 019-029773
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakad Ubezpiecze Spoecznych
ul. Szamocka 3, 5
Osoba do kontaktów: Marzena Gawlik
01-748 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226671727
E-mail: marzena.gawlik@zus.pl z zastrzeeniem sekcji VI.3)
Faks: +48 226671733/36
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [6]http://www.zus.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: ubezpieczenia spoeczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Prowadzenie bazy ywieniowej w Centralnym Orodku Szkoleniowym ZUS w
Osuchowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 17: Usugi hotelarskie i restauracyjne
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Centralny Orodek ZUS w Osuchowie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bazy ywieniowej w Centralnym
Orodku Szkoleniowym Zamawiajcego w Osuchowie k/Mszczonowa, od dnia
zawarcia Umowy, jednake nie wczeniej ni od 1.3.2016 do wykorzystania
limitu 30 000 osobodni, jednak nie duej ni do 28.2.2018 lub do
wyczerpania rodków przeznaczonych w umowie na realizacj zamówienia, w
zalenoci, które zdarzenie nastpi jako pierwsze.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
55300000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczcie 1.3.2016. Zakoczenie 28.2.2018
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca skadajcy ofert jest zobowizany wnie wadium w wysokoci
44 000 (sownie: czterdzieci cztery tysice zotych).
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: I. WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiega si mog Wykonawcy, którzy speniaj
warunki dotyczce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dowiadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
opisane w sekcji III.2.3)
2. O udzielenie zamówienia ubiega si mog Wykonawcy, którzy nie
podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy mog polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
czcych go z nimi stosunków.
II. Wymagane dokumenty
1. Wykonawca skada wraz z ofert nastpujce dokumenty i owiadczenia:
1.1. owiadczenia i dokumenty potwierdzajce spenianie warunków
udziau w postpowaniu:
1) owiadczenie potwierdzajce spenianie przez Wykonawc warunków
okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporzdzone wg wzoru
stanowicego zacznik nr 3 do SIWZ;
2) jeeli Wykonawca polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach
finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
czcych go z nimi stosunków, zobowizany jest udowodni
Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji
zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
zobowizanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.2. owiadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z
postpowania o udzielenie zamówienia:
1) owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporzdzone wg wzoru
stanowicego zacznik nr 4 do Specyfikacji;
2) aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
3) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert;
4) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajce, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz 10 i 11 ustawy wystawion
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawion nie wczeniej ni 6
miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
7) lista podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, e nie naley
do grupy kapitaowej.
2. W przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeniej ni 6
miesicy przed upywem terminu skadania ofert, z tym e w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed
notariuszem.
3. Wykonawca zagraniczny
3.1. Wykonawca zagraniczny (majcy siedzib lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów
wskazanych w pkt 1.2.:
1) ppkt 2), 3), 4), 6) skada dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce
odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci wystawione
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie
spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w
caoci wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej
ni 3 miesicy przed upywem terminu skadania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie
wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
ofert;
2) ppkt 5) skada zawiadczenie waciwego organu sdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz,
w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy 4 wystawione
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
4. Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów
wskazanych w pkt 3.1. Zastpuje si je dokumentem zawierajcym
owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem
wystawione odpowiednio w terminach okrelonych w pkt 3.1.
III. Zasady udziau w postpowaniu wykonawców wystpujcych wspólnie
1. Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiaj penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu albo
reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, skadaj jedn ofert, przy czym:
a) wymagane owiadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III.2.1)
Rozdzia II pkt. 1.2 ppkt 1)-7) niniejszego ogoszenia skada kady z
Wykonawców,
b) owiadczenie potwierdzajce spenianie warunków okrelonych w art.
22 ust. 1 ustawy wszyscy Wykonawcy wspólnie,
c) pozostae dokumenty skadaj wszyscy Wykonawcy wspólnie.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym
okresie, wykonali lub wykonuj co najmniej 2 usugi polegajce na
przygotowaniu i podaniu posiku w miejscu, w którym jest on
przyrzdzany, przy czym kada usuga obejmuje swoim zakresem
przygotowanie minimum 7 000 caodziennych posików (niadanie, obiad,
kolacja), przez okres minimum 12 kolejnych miesicy w sposób cigy.
Maksymalna liczba usug, która bdzie stanowia podstaw oceny ofert
(zgodnie z kryteriami okrelonymi w Rozdziale VII SIWZ) to 6.
Na potwierdzenie powyszego warunku, Wykonawca zobowizany jest zoy:
wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usug
polegajcych na przygotowaniu i podaniu posiku w miejscu, w którym
jest on przyrzdzany, przy czym kada usuga obejmuje swoim zakresem
przygotowanie minimum 7 000 caodziennych posików (niadanie, obiad,
kolacja) przez okres minimum 12 kolejnych miesicy, w sposób cigy
wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodów, czy
zostay wykonane lub s wykonywane naleycie, sporzdzony wg wzoru
stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ.
2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zostanie uznany za speniony, jeeli Wykonawca w zaczniku nr 6 do
SIWZ pn. Wykaz osób, wykae, e dysponuje min. 4 osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) szefem kuchni:
posiadajcym kwalifikacje gastronomiczne min. zawodowe;
posiadajcym dowiadczenie min. 12 miesicy, w zakresie usug
bdcych przedmiotem zamówienia;
posiadajcym aktualn i wan ksieczk sanitarno-epidemiologiczn;
b) minimum 3 osobami:
posiadajcymi kwalifikacje gastronomiczne min. zawodowe, które bd
wiadczyy usugi gastronomiczne;
posiadajcymi dowiadczenie min. 6 miesicy w zakresie usug bdcych
przedmiotem zamówienia;
posiadajcymi aktualne i wane ksieczki sanitarno-
epidemiologiczne.
Na potwierdzenie powyszego warunku, Wykonawca zobowizany jest zoy:
wykaz osób, które bd uczestniczyy w wykonywaniu zamówienia i którymi
dysponuje Wykonawca, sporzdzony wedug wzoru stanowicego Zacznik nr
6 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cakowita cena oferty brutto. Waga 95
2. Dowiadczenie Wykonawcy. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
TZ/271/1/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Termin skadania wniosków dotyczcych uzyskania dokumentów lub dostpu
do dokumentów: 15.2.2016 - 09:00
Dokumenty odpatne: tak
Poda cen: 50 PLN
Warunki i sposób patnoci: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
jest odpatna (przelewem lub gotówk) w przypadku, gdy Wykonawca bdzie
odbiera osobicie w siedzibie Zamawiajcego lub zwróci si z prob o
przesanie SIWZ poczt. Bezpatnie na stronie Zamawiajcego
[7]www.zus.pl
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
15.2.2016 - 09:00
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
w dniach: 60 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.2.2016 - 9:00
Miejscowo:
Otwarcie ofert nastpi w dniu upywu terminu skadania ofert w
siedzibie Zamawiajcego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydo C,
pitro I, Sala narad pok. 135 o godz. 9:30
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia, od dnia zawarcia Umowy, jednake nie
wczeniej ni od dnia 1 marca 2016 r. do wykorzystania limitu 30 000
osobodni, jednak nie duej ni do 28.2.2018 lub do wyczerpania rodków
przeznaczonych w umowie na realizacj zamówienia, w zalenoci, które
zdarzenie nastpi jako pierwsze.
2. Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmian umowy w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego
realizacji jeeli zmiany s korzystne dla Zamawiajcego lub wywoane
okolicznociami, których nie mona byo przewidzie
w momencie skadania oferty.
3. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci zmiany umowy w zakresie
przeniesienia praw i obowizków wynikajcych z umowy na osoby trzecie w
zakresie cesji wierzytelnoci.
4. Zmiana umowy wynika z okolicznoci, których nie mona byo
przewidzie w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s korzystne dla
Zamawiajcego.
5. Zmiana postanowie umowy nastpuje w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewanoci.
6. Z wnioskiem o zmian postanowie umowy moe wystpi zarówno
Wykonawca, jak
i Zamawiajcy.
7. Wysoko wynagrodzenia Wykonawcy okrelonego w § 5 ust. 3 wzoru
umowy moe ulec zmianie, z zastrzeeniem postanowie ust. 7 10, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usug (VAT),
2) wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 35 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
Nr 157, poz. 1314),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoci stawki skadki na ubezpieczenia spoeczne lub
zdrowotne,
jeeli zmiany te bd miay wpyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawc.
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 6, skutkujcych
zmian wysokoci wynagrodzenia nalenego Wykonawcy, kada ze stron
Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujcych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wejcia w ycie, moe wystpi do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokoci wynagrodzenia.
8. Podstaw do dokonania odpowiednich zmian wysokoci wynagrodzenia,
bdzie przedstawiona kadorazowo Zamawiajcemu kalkulacja kosztów
Wykonawcy, potwierdzajca wpyw wejcia w ycie przepisów dokonujcych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc.
Wykonawca zobowizany jest dostarczy dokumentacj potwierdzajc
poprawno dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajcymi zmian
wynagrodzenia.
9. Przed podjciem decyzji o zwikszeniu wynagrodzenia Zamawiajcy
dokona weryfikacji zasadnoci oraz poprawnoci oblicze dokonanych
przez Wykonawc w zakresie danej zmiany wynagrodzenia, a take oceny
moliwoci sfinansowania wyszego wynagrodzenia w ramach rodków
posiadanych w planie finansowym Zamawiajcego, zatwierdzonym na dany
rok.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajcego braku moliwoci
zabezpieczenia rodków finansowych na zwikszenie wynagrodzenia,
Zamawiajcy dokona stosownego skrócenia okresu wiadczenia usug.
11. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie Zamawiajcego [8]www.zus.pl
od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Skadanie odwoa
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - FR-Carcassonne
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 29873-2016 (ID: 2016012809142168849)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FR-Carcassonne: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
2016/S 19/2016 29873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Conseil général de l'Aude
Département de l'Aude, allée Raymond Courrière
Zu Händen von: M. le président du Conseil départemental de l'Aude
11855 Carcassonne Cedex 9
FRANKREICH
Telefon: +33 468116970
E-Mail: [4]marches@aude.fr
Fax: +33 468116893
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.aude.fr
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Département de l'Aude
Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
Publics
Zu Händen von: Cécile Pruss
11855 Carcassonne Cedex 9
Telefon: +33 468116970
E-Mail: [6]marches@aude.fr
Fax: +33 468116893
Internet-Adresse: [7]http://www.aude.fr
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Département de
l'Aude
Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
Publics Bureau 2.089
Zu Händen von: Cécile Pruss
11855 Carcassonne Cedex 9
Internet-Adresse: [8]http://www.aude.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77310000
Beschreibung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 16:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:marches@aude.fr?subject=TED
5. http://www.aude.fr/
6. mailto:marches@aude.fr?subject=TED
7. http://www.aude.fr/
8. http://www.aude.fr/
OT: 28/01/2016 S19 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
France-Carcassonne: Réalisation et entretien d'espaces verts
2016/S 019-029873
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Conseil général de l'Aude
Département de l'Aude, allée Raymond Courrière
À l'attention de: M. le président du Conseil départemental de l'Aude
11855 Carcassonne Cedex 9
FRANCE
Téléphone: +33 468116970
E-mail: [6]marches@aude.fr
Fax: +33 468116893
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.aude.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Département de l'Aude
Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
Publics
À l'attention de: Cécile Pruss
11855 Carcassonne Cedex 9
Téléphone: +33 468116970
E-mail: [8]marches@aude.fr
Fax: +33 468116893
Adresse internet: [9]http://www.aude.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Département de l'Aude
Département de l'Aude Allée Raymond Courrière Service des Marchés
Publics Bureau 2.089
À l'attention de: Cécile Pruss
11855 Carcassonne Cedex 9
Adresse internet: [10]http://www.aude.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Entretien et aménagement des sentiers sous maîtrise d'ouvrage
départementale.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Code NUTS FR811
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de laccord-cadre
Durée en années: 1
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Entretien et aménagement des sentiers sous maîtrise d'ouvrage
départementale.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
II.2.2)Information sur les options
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles: 3
dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles
d'être reconduits, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 01 Intitulé: Zone EST
1)Description succincte
Zone EST.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 02 Intitulé: Zone CENTRE
1)Description succincte
Zone CENTRE.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 03 Intitulé: Zone OUEST
1)Description succincte
Zone OUEST.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77310000
3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/dachèvement
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Mode de financement: Les crédits émaneront du budget propre du
Département..
Mode de paiement: Virement bancaire (Mandat administratif).
Délai de paiement: 30 jours.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement
conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution
du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de
présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le pouvoir
adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en
agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Lettre de candidature (ou Imprimé Dc1)
Déclaration du candidat (ou Imprimé Dc2)
Pouvoir de la personne à engager le candidat
déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est
en redressement judiciaire
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les travaux, fournitures ou services objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Moyens humains (effectifs) et matériels (outillage et équipement
technique) dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations
de même nature
liste des principales références pour des prestations similaires
exécutées ou en cours d'exécution au cours des trois dernières années
(cinq pour les travaux) indiquant notamment indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Valeur technique de l'offre. Pondération 50
2. Prix des prestations. Pondération 50
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
16S0011
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
7.3.2016 - 16:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Modalités de retrait des documents: Retrait par voie papier ou par voie
électronique.
Modalités de sélection des offres: La pondération est exprimée en
pourcentage.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Autres renseignements demandés:
Autres renseignements demandés: === Offre ===;
Autres renseignements demandés: acte d'engagement;
Autres renseignements demandés: bordereau des Prix;
Autres renseignements demandés: détail Quantitatif Estimatif;
Autres renseignements demandés: mémoire Technique Justificatif.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25 janvier 2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Montpellier
Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
E-mail: [11]greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Téléphone: +33 467548100
Adresse internet:
[12]http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml
Fax: +33 467547410
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends et
des Litiges
c.c.i.r.a.l. Secrétariat général pour les Affaires Régionales Boulevard
Paul Peytral
13282 Marseille Cedex 20
Téléphone: +33 491156374
Adresse internet: [13]http://www.paca.pref.gouv.fr/frameset.php
Fax: +33 491156190
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht - FI-Tampere
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
Dokument Nr...: 29973-2016 (ID: 2016012809173368956)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FI-Tampere: Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
2016/S 19/2016 29973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus
PL 297
FI-33101 Tampere
FINNLAND
E-Mail: [4]tuula.makinen@ely-keskus.fi
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
80400000
Beschreibung
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Niedrigstes Angebot 1 und höchstes Angebot 3 000 000 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 28/2016
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 1 und höchstes Angebot 3 000 000 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 3
References
4. mailto:tuula.makinen@ely-keskus.fi?subject=TED
OT: 28/01/2016 S19 - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta -
Avoin menettely
Suomi-Tampere: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
2016/S 019-029973
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus
PL 297
FI-33101 Tampere
SUOMI
Sähköpostiosoite: [6]tuula.makinen@ely-keskus.fi
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Palvelualan koulutuskokonaisuus.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Työvoimakoulutuksen hankinta.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
80400000
II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Alhaisin tarjous 1 ja korkein tarjous 3 000 000 EUR
Ilman alv:tä
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
Hankintasopimus nro 28/2016
PIRELY/5229/2015
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Hankintailmoitus
, 8.9.2015
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: 28/2016 Nimi : Palvelualan koulutuskokonaisuus
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
4.1.2016
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on
tehty
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Alhaisin tarjous 1 ja korkein tarjous 3 000 000 EUR
Ilman alv:tä
Jos vuosi- tai kuukausikohtainen arvo:
Vuosien lukumäärä: 3
V.5)Tietoa alihankinnasta
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
PL 118
FI-00131 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Tychowo
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Holzgewinnung
Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
Holzfällung
Transport von Stämmen im und aus dem Wald
Rodung
Fällen von Bäumen
Baumpflege
Aussaat von Baumsamen
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
Verwaltung in der Forstwirtschaft
Bekämpfung von Forstschädlingen
Aufforstung
Waldbrandbekämpfung
Dokument Nr...: 30073-2016 (ID: 2016012809184969045)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
PL-Tychowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
2016/S 19/2016 30073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
Nadlenictwo Tychowo
ul. Bobolicka 86
Zu Händen von: Katarzyna Marcinkowska, Krystyna Rakoczy
78-220 Tychowo
POLEN
Telefon: +48 943409620/+48 943115201
E-Mail: [4]tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowi
enia_publiczne
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400,
77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120
Beschreibung
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Holzgewinnung.
Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung.
Holzfällung.
Transport von Stämmen im und aus dem Wald.
Rodung.
Fällen von Bäumen.
Baumpflege.
Aussaat von Baumsamen.
Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft.
Verwaltung in der Forstwirtschaft.
Bekämpfung von Forstschädlingen.
Aufforstung.
Waldbrandbekämpfung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 8 328 805,65 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: UL Marek Dyk; UL Mirosaw ycki
Karsina 11; Ujazd 6/2
76-010; 76-020 Polanow; Bobolice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 605 509,49 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 605 509,10 PLN
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: ZUL Mirosawa Prokopowicz; Pozyskanie Drewna i Zrywka
Stanisaw Nogalski
Nowosióki 1/2; Rosnowo 2/21
76-020; 76-042 Bobolice; Rosnowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 679 930,87 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 679 523 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: UL i T Waleria Grayna Podstawka; UL Tomasz Podstawka;
FU-H DREWMIX Rafa Bprpwczak
Pobd 17A; Pobd 17A; Dobrowo 13
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 778 114,71 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 778 083,02 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: Roboty Ziemne i Budowa Dróg Hermantrans ukasz Herman;
ZUL i Transportowych Leszek Kowalski; UL Wiesaw Gruca
Tyczewo 3; Tyczewo 3; Dargi 21/1
78-220; 78-220; 76-020 Tychowo; Tychowo; Bobolice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 855 370,70 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 855 328,05 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: FU-H DALLAS ukasz Borowczak; FU-H BOREX Radosaw
Borowczak; ZUL Marian Borowczak
Dobrowo 13; Dobrowo 16; Dobrowo 16
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 758 321,37 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 758 206,20 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: ZUL Robert Papuch; ZUL i T Micha Kuczmera
Jatynia 1/2; Pobd 8
76-020; 78-220 Bobolice; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 788 233,77 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 787 633,74 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: ZUL Ryszard Grubalski; UL Ryszard Olender; FU-H
DREWPOL Krzysztof Borowczak
Bukowo 8/2; ul. A. Mickiewicza 8/3 16; Dobrowo 13
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 020 539,23 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 011 643,08 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: ZUL Sylwester Ponik; UL-T Tomasz Dygas
Drzonowo 17/2; Ujazd 8/2
78-220; 76-020 Tychowo; Bobolice
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 101 789,13 PLN
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 100 981,90 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: UL-T Zdzisaw i Andrzej Winiszewscy S.c.; UL Piotr
Kuczmera
Osówko 34; Pobd 8
78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 898 037,05 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 895 685,70 PLN
ohne MwSt
Auftrags-Nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum firm: ULiT Ryszard Pietrzak; ULiT Marek Matysiak
Ubocze 1; ul. Polna 13
78-450; 78-220 Grzmica; Tychowo
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 856 258,50 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 856 211,85 PLN
ohne MwSt
References
4. mailto:tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl?subject=TED
5. http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
6. http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowienia_publiczne
OT: 28/01/2016 S19 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Tychowo: Usugi lenictwa
2016/S 019-030073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
Nadlenictwo Tychowo
ul. Bobolicka 86
Osoba do kontaktów: Katarzyna Marcinkowska, Krystyna Rakoczy
78-220 Tychowo
POLSKA
Tel.: +48 943409620/+48 943115201
E-mail: [6]tychowo@szczecinek.lasy.gov.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej:
[7]http://www.tychowo.szczecinek.lasy.gov.pl/
Dostp elektroniczny do informacji:
[8]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowi
enia_publiczne
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: Skarb Pastwa Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: gospodarka lena
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie Nadlenictwa
Tychowo w roku 2016.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Obszar administracyjny Nadlenictwa
Tychowo.
Kod NUTS PL422
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpoarowej, pozyskania i
zrywki drewna, utrzymania lasu, gospodarki kowo-rolnej, nasiennictwa
oraz gospodarki szkókarskiej do wykonania na terenie Nadlenictwa
Tychowo w roku 2016.
Szczegóowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegóowy opis
technologii wykonywania poszczególnych prac (czynnoci) wchodzcych w
skad przedmiotu zamówienia, zawarty zosta w zacznikach nr 1B, 1C i
1D do SIWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bdzie obszar administracyjny
Nadlenictwa Tychowo, przy czym realizacja poszczególnych czci
zamówienia bdzie si odbywaa w granicach administracyjnych lenictw
waciwych dla danej czci zamówienia. Lokalizacje (adresy lene), na
których planowana jest realizacja przedmiotu zamówienia zostay opisane
w zaczniku nr 1B do SIWZ.
Opisy kodów czynnoci opisujcych poszczególne czynnoci wchodzce w
skad przedmiotu zamówienia zostay opisane w zaczniku nr 1C do SIWZ.
Czci zamówienia
Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 11 czci:
Cz 1 lenictwo: Kopaniewo,
Cz 2 lenictwo: Rosnowo,
Cz 3 lenictwo: Kurozwcz,
Cz 4 lenictwa: Dargi, Krpa,
Cz 5 lenictwo: Pobd,
Cz 6 lenictwo: Glinki,
Cz 7 lenictwa: Bukowo, Bbnica,
Cz 8 lenictwa: Smcino, Dzicioowo,
Cz 9 lenictwa: Czarnikowo, Sadkowo,
Cz 10 lenictwa: Nosibdy, Drzonowo,
Cz 11 gospodarstwo szkókarskie.
Wykonawca moe zoy ofert na jedn cz zamówienia. Oferta zoona
na dan cz zamówienia musi obejmowa cay zakres prac przewidzianych
w SIWZ dla danej czci.
Nazwy i kody dotyczce przedmiotu zamówienia okrelone zgodnie ze
Wspólnym Sownikiem Zamówie (CPV):
77200000-2 Usugi lenictwa,
77210000-5 Usugi pozyskania drewna,
77211000-2 Usugi uboczne zwizane z pozyskiwaniem drewna,
77211100-3 Usugi cicia drewna,
77211200-4 Transport duyc na terenie lasów,
77211300-5 Usugi selekcji drzew,
77211400-6 Usugi wycinania drzew,
77211500-7 Usugi pielgnacji drzew,
77211600-8 Sadzenie drzew,
77230000-1 Usugi dorane dotyczce lenictwa,
77231000-8 Usugi gospodarki lenej,
77231200-0 Usugi zwalczania szkodników lenych,
77231600-4 Usugi zalesiania,
75251120-0 Usugi ochrony przeciwpoarowej lasów.
2.) Unormowania, których zobowizany bdzie w szczególnoci
przestrzega Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
ustawa z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153
z pón. zm.),
ustawa z 16.4.2004 o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 627 z pón. zm.),
rozporzdzenie Ministra rodowiska z 24.8.2006 w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki lenej (Dz.U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141 z pón.
zm.),
rozporzdzenie Ministra rodowiska z 22.3.2006 w sprawie
szczegóowych zasad zabezpieczenia przeciwpoarowego lasów (Dz.U. z
2006 r. nr 58, poz. 405 z pón. zm.),
rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 7.6.2010
w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pón. zm.).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa
obowizujcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca bdzie
obowizany do stosowania i przestrzegania obowizków i zasad
wynikajcych z niej wymienionych dokumentów:
Zasady hodowli lasu wprowadzone zarzdzeniem nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Pastwowych z 21.11.2011,
Instrukcja ochrony lasu wprowadzona zarzdzeniem nr 57 Dyrektora
Generalnego Lasów Pastwowych z 22.11.2011,
Instrukcja bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lenej wprowadzona
zarzdzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 20.4.2012,
Instrukcja ochrony przeciwpoarowej lasu wprowadzon zarzdzeniem
nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 21.11.2011,
[ww. dokumenty s dostpne na stronie internetowej pod adresem
[9]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczn
e]
Zasady, kryteria i standardy zrównowaonej gospodarki lenej FSC,
PEFC ([10]http://pl.fsc.org, [11]http://www.pefc-polska.pl).
3) Wykonawca obowizany bdzie przestrzega przy realizacji przedmiotu
zamówienia nastpujcych norm:
Normy na surowiec drzewny:
PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podzia, terminologia i symbole,
PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miszoci i
cechowanie,
PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liciaste.
Wspólne wymagania i badania,
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno redniowymiarowe. Wspólne
wymagania i badania,
PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno maowymiarowe, Wspólne
wymagania i badania
PN-79/D-01011 Drewno okrge. Wady,
PN-D-02006 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakoci wedug metody
alternatywnej.
Normy i warunki techniczne na surowiec drzewny:
Zarzdzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 26.6.2014
w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
sklejkowe;
Zarzdzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 27.9.2013
w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe
iglaste;
Zarzdzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 27.9.2013
w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kodach
w jednostkach organizacyjnych Lasów Pastwowych;
Zarzdzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
redniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2AP;
Zarzdzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
redniowymiarowe uytkowe S2B;
Zarzdzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 17.4.2012
w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
maowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego M1PO;
Zarzdzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 5.4.2011
w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na
drewno redniowymiarowe energetyczne,
Zarzdzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Pastwowych z 21.6.1993
w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny obowizujcych w
Pastwowym Gospodarstwie Lenym Lasy Pastwowe:
Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe,
Ramowe warunki techniczne na supy teletechniczne,
Zarzdzenie nr 19 Dyrektora RDLP w Szczecinku z 23.4.2012 w sprawie
zasad udostpniania drzewostanów sieci szlaków operacyjnych w
nadlenictwach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinku.
Ww. dokumenty s dostpne na stronie internetowej pod adresem
[12]http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publicz
ne.
3.) Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca bdzie wykonywa przedmiot zamówienia na podstawie
pisemnych zlece przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiajcego
(dalej: Zlecenie). Zlecenie okrela bdzie zakres prac do wykonania,
termin ich realizacji, lokalizacj (adres leny), a w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby równie szczególne wymagania, co do sposobu
wykonania prac oraz okrelenie czci prac stanowicych przedmiot
Zlecenia objtych odbiorami czciowymi. Ilo surowca do wykonania w
ramach pozyskania i zrywki drewna wskazana w Zleceniu jest wartoci
szacunkow. Uznaje si, e wykonanie zlecenia z zakresu pozyskania i
zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie zrealizowania przez
Wykonawc wszystkich prac i wypenienie wszystkich wymogów opisanych w
SIWZ. Dopuszcza si, e w toku realizacji prac z zakresu pozyskania i
zrywki drewna mog wystpi odchylenia do 10 % masy pomidzy sum
Zlece w danym miesicu a wykonaniem.
2) Wykonawca przyjmuje do wiadomoci, e wskazana w opisie zamówienia
(zacznik nr 1B do SIWZ) i zleceniu powierzchnia, na której bd
realizowane prace z zakresu zagospodarowania lasu, jest powierzchni
zredukowan, tzn., e w terenie moe by realizowana na powierzchni
manipulacyjnej wikszej, na której s fragmenty, gdzie zabieg nie
bdzie realizowany (np. pozostawione biogrupy drzew, bagna lub miejsca,
gdzie zabieg nie bdzie wykonywany, bo jest na danym etapie rozwoju
drzewostanu zbdny).
3) Wykonawca bdzie zobowizany do uprztnicia swoich nieczystoci z
powierzchni, na której wykonywane byy prace, oraz odpadów pozostaych
po pozyskaniu z przylegych dróg i rowów melioracyjnych.
4) Wykonawca bdzie zobowizany do stosowania oleju biodegradowalnego
do sprztu hydraulicznego i do smarowania pi acuchowych oraz
zestawów do pochaniania oleju w urzdzeniach eksploatowanych na
terenie lasów.
5) Do smarowania pi acuchowych w eksploatowanych urzdzeniach
Wykonawca bdzie zobowizany stosowa olej biodegradowalny o parametrze
biodegradacji nie gorszym ni 60 %. Wymagane jest okrelenie
biodegradowalnoci zgodnie z metodyk bada opisan w Rozporzdzeniu
Komisji (WE) NR 440/2008 z 30.5.2008 (test przesiewowy OECD A-C)
ustalajcej metody bada zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH).
6) Wyznacznikiem szacunkowej iloci objtociowych lub wagowych
zuywanego oleju biodegradowalnego do smarowania pi acuchowych
bdzie przewidywana masa pozyskania w m³ wynikajca z planu pozyskania
drewna, przy uwzgldnieniu poniszych norm:
przy uyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m³ pozyskiwanego drewna,
przy uyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m³ pozyskiwanego
drewna.
7) Na kade danie Zamawiajcego Wykonawca zobowizany bdzie
przedstawi faktury zakupowe oleju wraz z Kart charakterystyki
preparatu niebezpiecznego potwierdzajcego stopie biodegradowalnoci
kupionego oleju, adekwatnie do iloci m³ pozyskanego drewna.
Zamawiajcemu suy bdzie prawo do weryfikacji oleju uywanego do
smarowania ukadów tncych, a Wykonawca zobowizany bdzie udostpni
Zamawiajcemu moliwo pobrania próbek oleju w iloci niezbdnej do
przeprowadzenia bada jego parametrów. Koszty bada laboratoryjnych
pokryj:
Zamawiajcy, jeeli parametr biodegradowalnoci jest nie niszy ni
60 % wedug metodyki bada jak wskazano powyej,
Wykonawca, jeeli parametr jest niszy ni 60 % wedug metodyki bada
jak wskazano powyej.
8) Wykonawca podczas wykonywania prac zobowizany bdzie posiada
odpowiednie zestawy do pochaniania oleju, które znajduj si na
wyposaeniu urzdze mechanicznych (harwester, forwarder, cignik,
przyczepa z urzdzeniem dwigowym i inne, oraz pilarki w miejscu ich
tankowania), a których uytkowanie moe spowodowa skaenie rodowiska
olejem podczas wykonywania prac w lesie oraz podczas dojazdu i powrotu
z powierzchni roboczej. Dopuszcza si posiadanie i uywanie przez
pilarzy kanistrów z bezpiecznymi kocówkami (dozownikami),
uniemoliwiajcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (przelanie)
podczas tankowania pilarki (zastpczo za maty pochaniajce olej i
paliwo).
9) Wykonawca obowizany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
dokona oznakowania pozycji zakazem wstpu zgodnie z art. 26 ustawy o
lasach. W szczególnoci Wykonawca jest zobowizany do waciwego
oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane
bd prace obejmujce pozyskanie, zrywk drewna i rozdrabnianie
pozostaoci pozrbowych oraz innych prac przewidzianych instrukcj
wskazan w pkt 3.2. Lokalizacja tablic przed rozpoczciem prac wymaga
uzgodnienia z waciwym leniczym.
4.) Wykonawca moe powierzy realizacj czci przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. Zamawiajcy zastrzega obowizek osobistego wykonania
przez wykonawc kluczowych czci zamówienia dla prac czyszczenia
wczesne, czyszczenia póne, czyszczenia póne z pozyskaniem masy oraz
trzebiee wczesne, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
5.) W zakresie, w jakim Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa
przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy
o prac, Wykonawca gwarantuje, e osoby wykonujce przedmiot zamówienia
bd zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowizek realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z
Ofert, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac
dotyczy równie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
6.) Opcjonalnie Zamawiajcy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy obejmujcy czynnoci analogiczne, jak opisane w opisie
przedmiotu zamówienia (dalej: Opcja). Zamawiajcy nie jest
zobowizany do zlecenia prac objtych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy
nie suy roszczenie o ich zlecenie. Prace bdce przedmiotem Opcji
mog zosta zlecone na warto do 20 % wartoci przedmiotu zamówienia
okrelonej zgodnie z § 9 ust 1 wzoru umowy stanowicego zacznik nr 9
do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400,
77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 8 328 805,65 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na
podstawie umowy o prac. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
S.270.5.9.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [13]2015/S 216-394396 z dnia 7.11.2015
Inne wczeniejsze publikacje
Numer ogoszenia w Dz.U.: [14]2015/S 228-415168 z dnia 25.11.2015
Numer ogoszenia w Dz.U.: [15]2015/S 220-401079 z dnia 13.11.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 1 - Nazwa: Cz 1
lenictwo: Kopaniewo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: UL Marek Dyk; UL Mirosaw ycki
Karsina 11; Ujazd 6/2
76-010; 76-020 Polanow; Bobolice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 605 509,49 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 605 509,10 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 2 - Nazwa: Cz 2
lenictwo: Rosnowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: ZUL Mirosawa Prokopowicz; Pozyskanie Drewna i Zrywka
Stanisaw Nogalski
Nowosióki 1/2; Rosnowo 2/21
76-020; 76-042 Bobolice; Rosnowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 679 930,87 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 679 523 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 3 - Nazwa: Cz 3
lenictwo: Kurozwcz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: UL i T Waleria Grayna Podstawka; UL Tomasz Podstawka;
FU-H DREWMIX Rafa Bprpwczak
Pobd 17A; Pobd 17A; Dobrowo 13
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 778 114,71 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 778 083,02 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 4 - Nazwa: Cz 4
lenictwa: Dargi, Krpa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: Roboty Ziemne i Budowa Dróg Hermantrans ukasz Herman;
ZUL i Transportowych Leszek Kowalski; UL Wiesaw Gruca
Tyczewo 3; Tyczewo 3; Dargi 21/1
78-220; 78-220; 76-020 Tychowo; Tychowo; Bobolice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 855 370,70 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 855 328,05 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 5 - Nazwa: Cz 5
lenictwo: Pobd
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: FU-H DALLAS ukasz Borowczak; FU-H BOREX Radosaw
Borowczak; ZUL Marian Borowczak
Dobrowo 13; Dobrowo 16; Dobrowo 16
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 758 321,37 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 758 206,20 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 6 - Nazwa: Cz 6
lenictwo: Glinki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: ZUL Robert Papuch; ZUL i T Micha Kuczmera
Jatynia 1/2; Pobd 8
76-020; 78-220 Bobolice; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 788 233,77 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 787 633,74 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 7 - Nazwa: Cz 7
lenictwa: Bukowo, Bbnica
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: ZUL Ryszard Grubalski; UL Ryszard Olender; FU-H
DREWPOL Krzysztof Borowczak
Bukowo 8/2; ul. A. Mickiewicza 8/3 16; Dobrowo 13
78-220; 78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 020 539,23 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 011 643,08 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 8 - Nazwa: Cz 8
lenictwa: Smcino, Dzicioowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: ZUL Sylwester Ponik; UL-T Tomasz Dygas
Drzonowo 17/2; Ujazd 8/2
78-220; 76-020 Tychowo; Bobolice
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 101 789,13 PLN
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 100 981,90 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 9 - Nazwa: Cz 9
lenictwa: Czarnikowo, Sadkowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: UL-T Zdzisaw i Andrzej Winiszewscy S.c.; UL Piotr
Kuczmera
Osówko 34; Pobd 8
78-220; 78-220 Tychowo; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 898 037,05 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 895 685,70 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: Wykonywanie usug z zakresu gospodarki lenej na terenie
Nadlenictwa Tychowo w roku 2016. Cz nr: 10 - Nazwa: Cz 10
lenictwa: Nosibdy, Drzonowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: ULiT Ryszard Pietrzak; ULiT Marek Matysiak
Ubocze 1; ul. Polna 13
78-450; 78-220 Grzmica; Tychowo
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 856 258,50 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 856 211,85 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokoci 50 % wartoci
poszczególnych czci zamówienia.
Przy wyborze ofert w kadej czci zamówienia Zamawiajcy bdzie si
kierowa nastpujcymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena 80 %,
2) Realizacja przedmiotu zamówienia za pomoc osób zatrudnionych na
podstawie umowy o prac 20 %.
Ocenie w ramach kryterium Cena podlega bdzie cena czna brutto
podana w formularzu oferty dla danej czci zamówienia.
W ramach kryterium Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o prac oceniane bdzie przyjcie
przez Wykonawc zobowizania do realizacji przedmiotu zamówienia za
pomoc osób wykazanych w rozdziale 6 pkt 3 tj. pilarzy (cz od 1 do
10) lub osób do prac szkókarskich i nasiennictwa (cz 11)
zatrudnionych na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy. Zasady realizacji tego zobowizania oraz zasady
odpowiedzialnoci za jego niewykonanie zostay opisane we wzorze umowy
stanowicym zacznik do SIWZ.
Wykonawca zobowizany jest poda na formularzu oferty (zaczniki nr
1.I. lub 1.II. do SIWZ) czn cen za wszystkie pozycje (prace)
przewidziane w Kosztorysie Ofertowym dla czci, na któr skada swoj
ofert.
Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzce w skad
czci zamówienia powinny by podane na Kosztorysie Ofertowym. Ceny
jednostkowe pokrywaj wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwizane z
realizacj danej czci zamówienia. Cena czna wynikajca z Kosztorysu
Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzce w skad czci
zamówienia powinna zosta przeniesiona do formularza oferty (zaczniki
1.I. lub 1.II do SIWZ).
Cen czn naley poda w zotych w kwocie brutto w odniesieniu do
caego przedmiotu zamówienia w danej czci zamówienia, z dokadnoci
do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrgle) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie ofertowym (zacznik
nr 1A.I. 1.A.XI do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawk podatku od towarów i usug (VAT) naley uwzgldni w wysokoci
obowizujcej na dzie skadania ofert.
Okrelony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia, postanowienia
wynikajce z wzoru umowy zaczonego do SIWZ stanowi podstaw do
obliczenia cen jednostkowych oraz ceny cznej wynikajcej z oferty.
Na ofert skadaj si:
a) formularz oferty (zaczniki nr 1.I. lub 1.II do SIWZ) wraz z
Kosztorysem Ofertowym (zaczniki nr 1AI. -1A.XII do SIWZ);
b) owiadczenie Wykonawcy o spenieniu warunków udziau w postpowaniu
(zacznik nr 2 do SIWZ);
c) owiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania
z powodu niespenienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
(zacznik nr 3 do SIWZ);
d) owiadczenie w sprawie przynalenoci do grupy kapitaowej (wg wzoru
stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ);
e) aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
f) aktualne zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opaceniem podatków lub
zawiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert;
g) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 i 1011 Pzp wystawiona nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert;
i) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wystawiona nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upywem terminu skadania ofert;
k) wykaz usug (zacznik nr 6 do SIWZ) wraz z dowodami
potwierdzajcymi, e zostay wykonane naleycie;
l) wykaz urzdze technicznych dostpnych Wykonawcy wraz z informacj o
podstawie dysponowania zasobami (zacznik nr 8 do SIWZ);
) wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbdnych do
wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci
wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
owiadczeniem, e osoby które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadaj wymagane uprawnienia
(zacznik nr 7.I lub 7.II do SIWZ);
m) informacja banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej,
potwierdzajca wysoko posiadania rodków finansowych lub zdolno
kredytow Wykonawcy wystawiana nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert;
n) penomocnictwo, o ile ofert podpisuje penomocnik;
o) pisemne zobowizania innych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbdnych zasobów na okres wykonywania zmówienia
wycznie w przypadku, jeeli Wykonawca wykaza, e przy realizacji
zamówienia bdzie polega na zasobach innych podmiotów.
Niektóre postanowienia umowy na cz od 1 do 10 (pozostae opisane w
zaczniku 9.I i 9.II do SIWZ):
Wskazany w SIWZ rozmiar prac wchodzcych w zakres Przedmiotu Umowy ma
charakter szacunkowy. Rozmiar prac zleconych do wykonania moe by
mniejszy od przedstawionego w SIWZ, co jednak nie moe by podstaw do
jakichkolwiek roszcze w stosunku do Zamawiajcego. Zamawiajcy moe
zleci zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak nie mniej ni
70 % Wartoci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoci, e wskazana w SIWZ i zleceniu
powierzchnia, na której bd realizowane prace z zakresu
zagospodarowania lasu, jest powierzchni zredukowan, tzn., e w
terenie moe by realizowana na powierzchni manipulacyjnej wikszej, na
której s fragmenty, gdzie zabieg nie bdzie realizowany (np.
pozostawione biogrupy drzew, bagna lub miejsca, gdzie zabieg nie bdzie
wykonywany, bo jest na danym etapie rozwoju drzewostanu zbdny).
Strony dopuszczaj sytuacj, w której w toku realizacji zlecenia moe
doj do nieistotnych odchyle szczegóowych elementów przedmiotu
zamówienia, np. dugo ogrodzenia ujtego w umowie bdzie po jego
realizacji dusza lub krótsza, ni opisana w SIWZ nieistotnie mog
iloci sadzonek oraz ich jako odbiega od zaoe ujtych w SIWZ dla
danej lokalizacji itp. Odchylenia powyszego typu nie wymagaj aneksu
do umowy. Jednoczenie odchylenia te nie mog doprowadzi do
przekroczenia wartoci zamówienia.
W przypadku wystpienia poaru Wykonawca zobowizany jest do
zaniechania czynnoci zwizanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w
zakresie, w jakim poar uniemoliwia realizacj Przedmiotu Umowy oraz
do bezzwocznego zaalarmowania o powyszych zdarzeniach Stray
Poarnej, Przedstawicieli Zamawiajcego oraz Punktu Alarmowo
Dyspozycyjnego Nadlenictwa.
Zlecanie prac
1. Wykonawca bdzie wykonywa Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych
zlece przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiajcego (Zlecenie).
Zlecenie okrela bdzie zakres prac do wykonania, termin ich
realizacji, lokalizacj (adres leny), a w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby, równie szczególne wymagania, co do sposobu wykonania prac.
Wykonaniem Zlecenia w zakresie dot. danej lokalizacji jest wykonanie
zabiegu okrelonego w Zleceniu w tej lokalizacji. Podana w zleceniu
ilo surowca drzewnego przeznaczonego do pozyskania i zrywki jest
jedynie wielkoci orientacyjn. Uznaje si, e wykonanie zlecenia z
zakresu pozyskania i zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie
zrealizowania przez Wykonawc wszystkich prac i wypenienie wszystkich
wymogów opisanych w SIWZ.
2. Zamawiajcy dooy stara, aby warto prac bdcych przedmiotem
Zlece w zakresie zrywki i pozyskania przypadajcych do wykonania w
danym miesicu trwania Umowy nie przekroczya 20 % wartoci prac z
zakresu pozyskania wchodzcych w skad Przedmiotu Umowy.
3. Zamiany lokalizacji prac oraz zamiana zakresu prac objtych w umowie
majce odzwierciedlenie w zleceniach wystawianych przez leniczego, po
zaakceptowaniu przez Wykonawc, nie wymagaj dodatkowej formy pisemnej.
4. Dopuszcza si, e w toku realizacji prac z zakresu pozyskania i
zrywki drewna mog wystpi odchylenia do 10 % masy pomidzy sum
Zlece w danym miesicu a wykonaniem.
5. Wykonawca nie moe odmówi przyjcia Zlecenia, co nie uchybia
postanowieniom ust. 12.
6. Informacje o wystawieniu Zlecenia bd przekazywane Wykonawcy,
zgodnie z wyborem Zamawiajcego, telefonicznie na numer
______________________, poczt elektroniczn na adres e-mail
____________ lub faxem na numer ________________. Zamawiajcy przekae
Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi kadorazowo przyjcie
Zlecenia poprzez jego podpisanie.
7. Zlecenie stanowi protokó przekazania powierzchni, na których
wykonywane s prace bdce przedmiotem Zlecenia. Od momentu przekazania
powierzchni Wykonawca ponosi odpowiedzialno za szkody wyrzdzone
Zamawiajcemu i osobom trzecim na przekazanej powierzchni.
8. Wezwania do przyjcia Zlecenia bd przekazywane z co najmniej
1-dniowym wyprzedzeniem, chyba, e Przedstawiciele Zamawiajcego i
Wykonawcy zgodnie postanowi inaczej.
9. Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustpami poprzedzajcymi,
Wykonawca nie jest uprawniony, do wykonywania jakichkolwiek prac
objtych Przedmiotem Umowy, z zastrzeeniem ust. 10.
10. W przypadku koniecznoci natychmiastowego zlecenia prac
Przedstawiciele Zamawiajcego moe przekaza Zlecenie telefonicznie na
numer ______________________. Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie
niezwocznie potwierdzone w sposób, o którym mowa w ust. 6.
11. Dopuszcza si modyfikacj Zlecenia po jego przekazaniu, jeeli
wystpi szczególne okolicznoci.
12. Wykonawca niezwocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowizany jest
informowa Zamawiajcego o wszelkich znanych mu przeszkodach
uniemoliwiajcych lub utrudniajcych wykonanie Zlecenia.
13. Zamawiajcy jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji
przedmiotu Zlecenia, wstrzymania realizacji lub odwoania realizacji
Zlecenia w przypadku zaistnienia niesprzyjajcych warunków
przyrodniczych bd atmosferycznych, zmian na rynku sprzeday drewna
lub powierzenia Zamawiajcemu nowych zada gospodarczych lub
publicznych.
Odbiory
1. Odbiór prac objtych danym Zleceniem bdzie dokonywany w imieniu
Zamawiajcego przez Przedstawicieli Zamawiajcego. Przedmiotem odbioru
bd, w zalenoci od treci Zlecenia, wszystkie prace objte danym
Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z
zakresu pozyskania równie cz pozycji.
2. Odbiór bdzie obejmowa obmiar iloci wykonanych prac oraz ocen ich
jakoci. Zasady odbioru prac dla poszczególnych prac okrela SIWZ.
3. Wykonawca zobowizany jest zgosi Przedstawicielom Zamawiajcego
zakoczenie prac stanowicych przedmiot Zlecenia, a w przypadku prac z
zakresu pozyskania i zrywki drewna take zakoczenie prac na danej
pozycji Zlecenia.
4. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegajcymi si o
udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wska oni
czonka konsorcjum upowanionego do zgaszania i odbioru prac w imieniu
wszystkich czonków konsorcjum.
5. Zgoszenie, o którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane
Przedstawicielowi Zamawiajcemu faxem lub poczt elektroniczn na
numery lub adresy wskazane w SIWZ.
6. W przypadkach uzgodnionych uprzednio z Przedstawicielami
Zamawiajcego lub w przypadkach wskazanych w Zleceniu zgoszenie, o
którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane Przedstawicielom Zamawiajcemu
ustnie lub telefonicznie na numer wskazany w SIWZ. Zgoszenie
przekazane ustnie lub telefoniczne zostanie niezwocznie potwierdzone w
sposób, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeeli Wykonawca w terminie wynikajcym ze Zlecenia nie zgosi
Zamawiajcemu o zakoczeniu prac stanowicych przedmiot Zlecenia, a w
przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna take zakoczenia
prac na danej pozycji Zlecenia, Zamawiajcy jest uprawniony wezwa
Wykonawc do natychmiastowego dokonania zgoszenia, a w przypadku braku
reakcji na takie wezwanie do dokonania odbioru w zakresie przez siebie
okrelonym.
8. Odbiór powinien zosta wyznaczony przez Przedstawicieli
Zamawiajcego na termin nie póniejszy ni 5 dni roboczych od
otrzymania zgoszenia, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca moe wzi
udzia w odbiorze. Brak obecnoci Przedstawiciela Wykonawcy nie
uniemoliwia dokonania odbioru przez Zamawiajcego
9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego cz wolna od wad lub
usterek, z zastrzeeniem postanowie SIWZ. W przypadku stwierdzenia
nieprawidowoci w wykonaniu prac Zamawiajcy moe odmówi odebrania
prac wykonanych wadliwie. Po upywie terminu wykonania Zlecenia,
Zamawiajcy moe:
1) naliczy Wykonawcy kar umown, zgodnie z SIWZ; albo
2) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu
Zlecenia lub jego czci w sposób wolny o wad lub usterek, a po jego
bezskutecznym upywie odstpi od Umowy; albo
3) zastpczo powierzy wykonanie prac niewykonanych naleycie na koszt
Wykonawcy osobie trzeciej (Wykonanie Zastpcze).
10. Odbiór prac bdzie dokumentowany:
1) w przypadku dokonywania odbioru czci prac z zakresu pozyskania
drewna Rejestrem Odebranego Drewna (bdcym podstaw do sporzdzenia
Protokou Odbioru Robót);
2) w przypadku dokonywania odbioru czci prac z zakresu zrywki drewna
Kwitem Zrywkowym (bdcym podstaw do sporzdzenia Protokou Odbioru
Robót);
3) w przypadkach innych ni wskazane w pkt 1 2 Protokoem Odbioru
Robót.
11. Protokó Odbioru Robót stanowi protokó zwrotu powierzchni, na
których wykonywane byy prace bdce przedmiotem Zlecenia.
12. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak równie
wskazanie ewentualnych nieprawidowoci (wad) lub szkód wyrzdzonych w
toku wykonywania prac bdzie nastpowaa na pimie.
13. Strony ustalaj, i wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajcego
w zwizku z Wykonaniem Zastpczym Zamawiajcy moe potrci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Jeeli potrcenie z wynagrodzenia Wykonawcy
kosztów poniesionych przez Zamawiajcego w zwizku z Wykonaniem
Zastpczym nie bdzie moliwe, Zamawiajcy moe koszty te zaspokoi z
zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.
Obowizki Wykonawcy w zakresie personelu dla czci od 1 do 10:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczestwo i przestrzeganie
przepisów i uregulowa prawnych obowizujcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki lenej oraz
zasad i przepisów BHP i ppo. na terenie wykonywanych prac.
2. Wykonawca obowizany jest zapewni udzia w wykonywaniu prac osób o
odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel
Wykonawcy) do zakresu prac objtych danym Zleceniem.
3. Jeeli Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
w zakresie pozyskania drewna przy pomocy pilarzy zatrudnionych na
podstawie umowy o prac, Wykonawca gwarantuje, e ww. osoby wykonujce
Przedmiot Umowy w powyszym zakresie bd zatrudnione przez niego lub
podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy.
4. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzcych w skad Personelu
Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si
wykonywa Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu kopie umów
potwierdzon za zgodno z oryginaem o prac pracowników swoich lub
podwykonawców.
5. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany osób,
o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajce co najmniej
tak sam wiedz i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SIWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowizany jest powiadomi
Zamawiajcego na pimie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
prac wraz z dostarczeniem kopii zawiadcze o ukoczeniu z wynikiem
pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilark.
6. W przypadku zmiany skadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku,
do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca
obowizany jest dostarczy Zamawiajcemu kopie umów o prac
potwierdzone za zgodno z oryginaem z tymi osobami.
7. Na kade danie Zamawiajcego w terminie 14 dni od daty
dorczenia wezwania Wykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o prac na stanowiskach pilarzy z powiadczeniem ich
ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania
zamówienia przez waciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg
ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
8. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7
stanowi przypadek naruszenia obowizku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
9. Wykonawca zobowizuje si dopuci do wykonywania poszczególnych
prac osoby, które zgodnie z obowizujcymi przepisami posiadaj
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyy odpowiednie szkolenia i
ukoczyy je z wynikiem pozytywnym, posiadaj wymagane zawiadczenia
kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli
Zamawiajcego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny by
dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciele
Zamawiajcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawc lub dania zaprzestania wykonywania tych prac przez tak
osob. Powysze nie narusza uprawnie Zamawiajcego, o których mowa w
SIWZ
10. Wykonawca zobowizany jest poinformowa Personel Wykonawcy oraz
podwykonawców o zagroeniach dla zdrowia i ycia istniejcych na
terenie, na którym prace bd wykonywane, w szczególnoci o
zagroeniach, przed którymi chroni ich bd rodki ochrony
indywidualnej oraz przekaza informacje o tych rodkach i zasadach ich
stosowania, jak równie o dziaaniach ochronnych i zapobiegawczych,
jakie mog zosta podjte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych
zagroe.
11. Przedstawiciele Zamawiajcego uprawnieni s do weryfikacji
tosamoci Personelu Wykonawcy uczestniczcego w realizacji prac.
12. Realizacja przez Wykonawc Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajcego.
Wystpujc o wyraenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskae osob podwykonawcy oraz
szczegóowo okreli zakres prac, jaki zamierza powierzy temu
podwykonawcy. Zamawiajcy jest uprawniony przed wyraeniem zgody da
od Wykonawcy przedoenia informacji lub dokumentów dotyczcych:
1) zdolnoci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia
podwykonawcy zakresu rzeczowego,
2) dysponowania personelem umoliwiajcym podwykonawcy realizacj
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje si podwykonawca,
4) kopii umów o prac dla personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy
Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy w zakresie
pozyskania drewna przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
prac i bdzie posikowa si pracownikami podwykonawcy.
13. Jeeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoywa si, na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
w celu wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowizany wykaza
Zamawiajcemu, i proponowany inny podwykonawca spenia je w stopniu
nie mniejszym ni wymagany w trakcie postpowania o udzielenie
zamówienia poprzedzajcego zawarcie Umowy.
14. Wykonawca ma obowizek wyznaczenia koordynatora zgodnie z
przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).
Obowizki Wykonawcy w zakresie personelu dla czci 11:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczestwo i przestrzeganie
przepisów i uregulowa prawnych obowizujcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki lenej oraz
zasad i przepisów BHP i ppo. na terenie wykonywanych prac.
2. Wykonawca obowizany jest zapewni udzia w wykonywaniu prac osób o
odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel
Wykonawcy) do zakresu prac objtych danym Zleceniem.
3. Jeeli Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
w zakresie produkcji szkókarskiej przy pomocy pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o prac, Wykonawca gwarantuje, e ww.
osoby wykonujce Przedmiot Umowy w powyszym zakresie bd zatrudnione
przez niego lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu
Kodeksu pracy.
4. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzcych w skad Personelu
Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si
wykonywa Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o prac, Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu kopie umów
potwierdzon za zgodno z oryginaem o prac pracowników swoich lub
podwykonawców.
5. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajcy dopuszcza moliwo zmiany osób,
o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajce co najmniej
tak sam wiedz i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SIWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowizany jest powiadomi
Zamawiajcego na pimie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania
prac wraz z dostarczeniem kopii zawiadcze o ukoczeniu z wynikiem
pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilark.
6. W przypadku zmiany skadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku,
do którego Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy
przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca
obowizany jest dostarczy Zamawiajcemu kopie umów o prac
potwierdzone za zgodno z oryginaem z tymi osobami.
7. Na kade danie Zamawiajcego w terminie 14 dni od daty
dorczenia wezwania Wykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o prac na stanowiskach pilarzy z powiadczeniem ich
ubezpieczenia spoecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania
zamówienia przez waciwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg
ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
8. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7
stanowi przypadek naruszenia obowizku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
9. Wykonawca zobowizuje si dopuci do wykonywania poszczególnych
prac osoby, które zgodnie z obowizujcymi przepisami posiadaj
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyy odpowiednie szkolenia i
ukoczyy je z wynikiem pozytywnym, posiadaj wymagane zawiadczenia
kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli
Zamawiajcego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny by
dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciele
Zamawiajcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawc lub dania zaprzestania wykonywania tych prac przez tak
osob. Powysze nie narusza uprawnie Zamawiajcego, o których mowa w
SIWZ.
10. Wykonawca zobowizany jest poinformowa Personel Wykonawcy oraz
podwykonawców o zagroeniach dla zdrowia i ycia istniejcych na
terenie, na którym prace bd wykonywane, w szczególnoci o
zagroeniach, przed którymi chroni ich bd rodki ochrony
indywidualnej oraz przekaza informacje o tych rodkach i zasadach ich
stosowania, jak równie o dziaaniach ochronnych i zapobiegawczych,
jakie mog zosta podjte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych
zagroe.
11. Przedstawiciele Zamawiajcego uprawnieni s do weryfikacji
tosamoci Personelu Wykonawcy uczestniczcego w realizacji prac.
12. Realizacja przez Wykonawc Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajcego.
Wystpujc o wyraenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskae osob podwykonawcy oraz
szczegóowo okreli zakres prac, jaki zamierza powierzy temu
podwykonawcy. Zamawiajcy jest uprawniony przed wyraeniem zgody da
od Wykonawcy przedoenia informacji lub dokumentów dotyczcych:
1) zdolnoci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia
podwykonawcy zakresu rzeczowego,
2) dysponowania personelem umoliwiajcym podwykonawcy realizacj
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje si podwykonawca,
4) kopii umów o prac dla personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy
Wykonawca w Ofercie zobowiza si wykonywa Przedmiot Umowy w zakresie
pozyskania drewna przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
prac i bdzie posikowa si pracownikami podwykonawcy.
13. Jeeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoywa si, na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
w celu wykazania speniania warunków udziau w postpowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowizany wykaza
Zamawiajcemu, i proponowany inny podwykonawca spenia je w stopniu
nie mniejszym ni wymagany w trakcie postpowania o udzielenie
zamówienia poprzedzajcego zawarcie Umowy.
14. Wykonawca ma obowizek wyznaczenia koordynatora zgodnie z
przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).
Ubezpieczenia
1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawar
umow ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (Ubezpieczenie OC) na
sum ubezpieczenia nie mniejsz ni 300 000 PLN. W przypadku konsorcjum
lub spóki cywilnej polisa musi by na czn kwot 300 000 PLN, w
równej kwocie na kadego uczestnika.
2. Wykonawca, a w przypadku konsorcjum lub spóki cywilnej, kady
uczestnik Umowy, zobowizuje si do utrzymywania przez okres
wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC Polis lub inny dokument
potwierdzajcy kontynuacj ubezpieczenia od dnia nastpnego po dniu
ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opacenia
skadek na to ubezpieczenie Wykonawca bdzie przedkada Zamawiajcemu
nie póniej ni na 14 dni przed dniem wyganicia poprzedniej umowy
ubezpieczenia.
3. Jeeli Wykonawca nie wykona obowizku, o którym, mowa w ust. 2,
Zamawiajcy wedle swojego wyboru moe:
1) odstpi od Umowy;
2) ubezpieczy Wykonawc na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajcy potrci z wynagrodzenia, a gdyby
potrcenie to nie byo moliwe zaspokoi si z Zabezpieczenia.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca,
którego oferta zostaa uznana za najkorzystniejsz zobowizany jest
dopeni nastpujcych formalnoci:
1) dostarczy kopi umowy konsorcjum, jeeli zamówienie bdzie
realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia;
2) dostarczy kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem zawiadcze o
ukoczeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu
pracy pilark dla osób wskazanych w zaczniku nr 7 do SIWZ;
3) dostarczy kopi potwierdzon za zgodno z oryginaem polisy od
odpowiedzialnoci cywilnej okrelonej we wzorze umowy na warto 300
000 PLN. W przypadku konsorcjum lub spóki cywilnej polisa musi by na
czn kwot 300 000 PLN, w równej kwocie na kadego uczestnika;
4) wnie wymagane zabezpieczanie naleytego wykonania umowy;
5) dostarczy kopi umowy (zobowizanie o wspópracy) zawart z firm
posiadajc uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skaonych
olejami (w przypadku Wykonawcy wykonujcego zabiegi z uyciem rodków
chemicznych umowa musi obejmowa odbiór oraz utylizacj zbdnych bd
przeterminowanych rodków chemicznych, opakowa po nich itp.);
6) w zakresie okrelonym w SIWZ dostarczy kopie umów o prac w
przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiza si realizowa przedmiot
zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac.
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowicy
zacznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie zoonej
oferty Wykonawcy. Zamawiajcy przewiduje moliwo zmian postanowie
zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystpienia co najmniej jednej z
okolicznoci w niej wymienionych z uwzgldnieniem podanych we wzorze
umowy warunków ich wprowadzenia.
Jeeli Wykonawca, którego oferta zostaa wybrana, uchyla si od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi
zamawiajcemu ww. dokumentów, zamawiajcy wybiera ofert
najkorzystniejsz sporód pozostaych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, e zachodz przesanki, o których mowa w art. 93
ust.1. ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [16]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [17]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/+48 224587803
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
wnosi si:
1. w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli zostay
przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
jeeli zostay przesane w inny sposób.
2. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si
w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej. Odwoanie wobec czynnoci innych
ni w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito
lub przy zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo
o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [18]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [19]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/+48 224587803
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - FR-Dünkirchen
Versicherungen
Dokument Nr...: 30173-2016 (ID: 2016012809194469152)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FR-Dünkirchen: Versicherungen
2016/S 19/2016 30173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Dunkerque
place Charles Valentin, BP 6.537
Zu Händen von: M. le maire
59386 Dunkerque Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 28262872
E-Mail: [4]marches.publics@ville-dunkerque.fr
Fax: +33 28262420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://marches-securises.fr/perso/flandre-dunkerque/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66510000
Beschreibung
Versicherungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 16003 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SMACL Assurance
145 rue Salvator Allendé
79031 Niort Cedex 9
FRANKREICH
E-Mail: [6]appeloffre@smacl.fr
Telefon: +33 5493255656
Fax: +33 549734720
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 7 956 EUR
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 16004 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
GRAS Savoie mandataire de la compagnie AXA ART
Immeuble Quai 33 33 quai de Dion-Bouton CS 70001
92814 Puteaux Cedex
FRANKREICH
E-Mail: [7]olivier.porte@grassavoye.com
Telefon: +33 141435550
Fax: +33 141436958
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 13 752 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:marches.publics@ville-dunkerque.fr?subject=TED
5. http://marches-securises.fr/perso/flandre-dunkerque/
6. mailto:appeloffre@smacl.fr?subject=TED
7. mailto:olivier.porte@grassavoye.com?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer - FR-Nogent-sur-Seine
Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
Dokument Nr...: 30273-2016 (ID: 2016012809204669232)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
FR-Nogent-sur-Seine: Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
2016/S 19/2016 30273
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Nogent-sur-Seine
27 grande rue Saint-Laurent
Zu Händen von: M. Fadin Hugues, maire
10400 Nogent-sur-Seine
FRANKREICH
Telefon: +33 325394209
Fax: +33 325399874
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://nogent-sur-seine.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60170000
Beschreibung
Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Les CARS Moreau
12 rue du 19 Mars
77480 Fontaine-Fourches
FRANKREICH
Telefon: +33 164018205
V.4)Angaben zum Auftragswert
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51000 Châlons-en-Champagne
Telefon: +33 326668687
Fax: +33 326210187
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51000 Châlons-en-Champagne
Telefon: +33 326668687
Fax: +33 326210187
References
5. http://nogent-sur-seine.fr/
OT: 28/01/2016 S19 - - Services - Avis en cas de transparence ex ante
volontaire - Attribution de marché sans publication préalable
France-Nogent-sur-Seine: Location de véhicules de transport de
personnes avec chauffeur
2016/S 019-030273
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Le présent avis est couvert par: la directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Nogent-sur-Seine
27 grande rue Saint-Laurent
À l'attention de: M. Fadin Hugues, maire
10400 Nogent-sur-Seine
FRANCE
Téléphone: +33 325394209
Fax: +33 325399874
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice:
[6]http://nogent-sur-seine.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
1.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte
d'autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la commune
mai 2016.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 20: Services annexes et auxiliaires des
transports
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la commune
mai 2016.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60170000
II.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
section 2 de lannexe D1, D2 ou D3, selon le cas)
Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
Autre justification de lattribution du marché sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE
Le marché a pour objet des services figurant à lannexe II B de la
directive
Ce marché, d'un montant inférieur aux seuils fixés par la directive
2004/18 pour les pouvoirs adjudicateurs, est passé selon une procédure
adaptée pour laquelle la publication préalable d'un avis de marché au
JOUE n'est pas obligatoire.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire
justificatif à produire par le candidat. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur/l'entité adjudicatrice
201515-200AH
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Organisation d'une sortie à la journée pour les anciens de la
commune mai 2016
V.1)Date d'attribution du marché:
21.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues:2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Les CARS Moreau
12 rue du 19 Mars
77480 Fontaine-Fourches
FRANCE
Téléphone: +33 164018205
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-172485, mise en ligne le 17.11.2015.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51000 Châlons-en-Champagne
Téléphone: +33 326668687
Fax: +33 326210187
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51000 Châlons-en-Champagne
Téléphone: +33 326668687
Fax: +33 326210187
VI.4)Date denvoi du présent avis:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - PL-Danzig
Elektrizität
Dokument Nr...: 30373-2016 (ID: 2016012809215969338)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
PL-Danzig: Elektrizität
2016/S 19/2016 30373
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Zakad Komunikacji Miejskiej w Gdasku Sp. z o.o.
ul. Jakowa Dolina 2
Zu Händen von: Dariusz Gadykowski
80-252 Gdask
POLEN
Telefon: +48 583412963
E-Mail: inwestycje@zkm.pl.
Fax: +48 583412963
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.zkm.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000
Beschreibung
Elektrizität.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 4 246 256,43 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
POLEN
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 226 280 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 246 256,43 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 01
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. http://www.zkm.pl/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit - MK-Skopje
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Dokument Nr...: 30473-2016 (ID: 2016012809231969439)
Veröffentlicht: 28.01.2016
*
MK-Skopje: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
2016/S 19/2016 30473
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
City of Skopje
bul. Ilinden 82
Zu Händen von: Bojan Saveski
1000 Skopje
EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
Telefon: +389 23297222 / 23297349
E-Mail: [4]javninabavki@skopje.gov.mk
Fax: +389 23297292
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.skopje.gov.mk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79000000
Beschreibung
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting,
Einstellungen, Druck und Sicherheit.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:javninabavki@skopje.gov.mk?subject=TED
5. http://www.skopje.gov.mk/
OT: 28/01/2016 S19 - - Services - Contract notice - Open procedure
Former Yugoslav Republic of Macedonia-Skopje: Business services: law,
marketing, consulting, recruitment, printing and security
2016/S 019-030473
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
City of Skopje
bul. Ilinden 82
For the attention of: Bojan Saveski
1000 Skopje
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Telephone: +389 23297222 / 23297349
E-mail: [6]javninabavki@skopje.gov.mk
Fax: +389 23297292
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.skopje.gov.mk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Printing of the informative newsletter of the City of Skopje.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 15: Publishing and printing services on a fee or
contract basis
NUTS code MK
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Printing of the informative newsletter of the City of Skopje.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
79000000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
II.1.9)Information about variants
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 4 285 714 MKD
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Warranty for the bid: Yes (3 %)
Warranty for qualitative performance of the contract: Yes (10 %).
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: In order to prove its personal status, the
economical operator should submit the following documents:
statement of the economic operator stating that no effective verdict
has been pronounced in the past 5 years for participation in criminal
organization, corruption, fraud or money laundering,
confirmation that no bankruptcy procedure has been initiated by a
competent authority,
confirmation that no liquidation procedure has been initiated by a
competent authority,
confirmation for paid taxes, contributions and other public fees from
the authority competent in the country where the economic operator has
been registered,
confirmation from the Registry for penalties for committed criminal
acts of the legal entities stating that no secondary penalty, ban on
participation in open call procedures, on awarding of contracts for
public procurement and contracts on public-private partnership has been
pronounced,
confirmation from the Registry for penalties for committed criminal
acts of the legal entities stating that no secondary penalty, temporary
penalty or permanent ban on the performance of particular activity has
been pronounced,
confirmation stating that no misdemeanour sanction ban on the
performance of the profession, activity or obligation, i.e. temporary
ban on the performance of a particular activity has been pronounced
with the effective verdict.
Capability for performing professional activity of the economical
operator:
document for registered professional activity (DRA form).
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: E auction.
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 15.2.2016 - 10:00
Place:
City of Skopje, barrack 13.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: DK-Køge: - DK-Køge
Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen
Sporttraining oder Aerobic
Coaching
Dokument Nr...: 30573-2016 (ID: 2016012909014969621)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
DK-Køge:
2016/S 20/2016 30573
Vorinformation
Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Køge Kommune
Torvet 1
Køge
4600
DÄNEMARK
E-Mail: [5]indkoeb@indkoeb.dk
NUTS-Code: DK021
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [6]www.koege.dk
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Høring af Køge Kommunes udbud af personalepolitiske ordninger.
Referenznummer der Bekanntmachung: 134849
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85121270
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Køge Kommune sender herved materialet til Kommunens kommende udbud af
personalepolitiske ordninger i høring. Med denne høring opfordrer Køge
Kommune alle tilbudsgivere med interesse i det kommende udbud til at
kommenterer og stille spørgsmål til det offentliggjorte materiale.
Køge Kommunes Personalepolitiske ordninger omfatter følgende områder:
Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær
Psykologisk krisehjælp
Fysisk træning.
Til at gennemfører høringen benytter Køge Kommune det elektroniske
udbudssystem eu-supply.
Interessenter kan kommenterer og sætte spørgsmål til materialet ved at
benytte eu-supply's beskedfunktion. Alle spørgsmål, kommentarer og svar
vil blive offentliggjort via eu-supply. Køge Kommune vil ved udløbet af
høringsperioden uploade en samlet besvarelse af alle indkomne
spørgsmål. Såfremt Køge Kommune finder det relevant, vil
høringsperioden blive forlænget.
Nærmere oplysninger om eu-supply findes i forhåndmeddelelsens del
VI.3).
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 150 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Psykologisk Krisehjælp.
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85121270
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK021
Hauptort der Ausführung:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere, der har oplevet vold, trusler eller traumatiske
hændelser til psykologisk krisehjælp. Krisehjælpen skal have fokus på
at fastholde medarbejderen bedst muligt på
arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Fysisk træning.
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98336000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK021
Hauptort der Ausführung:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere med fysisk belastende/nedslidende arbejde til
fysisk træning hos en fysio-/ergoterapeut. Træningen skal have fokus på
at fastholde medarbejderen bedst muligt på arbejdspladsen /
arbejdsmarkedet.
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær.
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79998000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK021
Hauptort der Ausführung:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere med forventet langtidssygefravær til en coaching.
Coaching skal have fokus på at fastholde medarbejderen bedst muligt på
arbejdspladsen / arbejdsmarkedet.
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
Auftragsbekanntmachung:
01/03/2016
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i høringen, kræver
det online registrering i det elektroniske udbudssystem system CTM
(EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når
virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Køge
Kommunes udbud og annonceringer.
Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind og se
udbudsmaterialet.
Høringen kan tilgås gennem følgende link:
[7]https://eu.eu-supply.com/koege.asp
Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst
EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til
[8]support@eu-supply.com.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/01/2016
References
5. mailto:indkoeb@indkoeb.dk?subject=TED
6. http://www.koege.dk/
7. https://eu.eu-supply.com/koege.asp
8. mailto:support@eu-supply.com?subject=TED
OT: 29/01/2016 S20 - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden
indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse
Danmark-Køge: Psykiater- eller psykologtjenester
2016/S 020-030573
Forhåndsmeddelelse
Denne bekendtgørelse er kun vejledende
Tjenesteydelser
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)Navn og adresser
Køge Kommune
Torvet 1
Køge
4600
DANMARK
E-mail: [5]indkoeb@indkoeb.dk
NUTS-kode: DK021
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: [6]www.koege.dk
I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:
Høring af Køge Kommunes udbud af personalepolitiske ordninger.
Sagsnr.: 134849
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85121270
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:
Køge Kommune sender herved materialet til Kommunens kommende udbud af
personalepolitiske ordninger i høring. Med denne høring opfordrer Køge
Kommune alle tilbudsgivere med interesse i det kommende udbud til at
kommenterer og stille spørgsmål til det offentliggjorte materiale.
Køge Kommunes Personalepolitiske ordninger omfatter følgende områder:
Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær
Psykologisk krisehjælp
Fysisk træning.
Til at gennemfører høringen benytter Køge Kommune det elektroniske
udbudssystem eu-supply.
Interessenter kan kommenterer og sætte spørgsmål til materialet ved at
benytte eu-supply's beskedfunktion. Alle spørgsmål, kommentarer og svar
vil blive offentliggjort via eu-supply. Køge Kommune vil ved udløbet af
høringsperioden uploade en samlet besvarelse af alle indkomne
spørgsmål. Såfremt Køge Kommune finder det relevant, vil
høringsperioden blive forlænget.
Nærmere oplysninger om eu-supply findes i forhåndmeddelelsens del
VI.3).
II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 150 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Psykologisk Krisehjælp.
Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere, der har oplevet vold, trusler eller traumatiske
hændelser til psykologisk krisehjælp. Krisehjælpen skal have fokus på
at fastholde medarbejderen bedst muligt på
arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Fysisk træning.
Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98336000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere med fysisk belastende/nedslidende arbejde til
fysisk træning hos en fysio-/ergoterapeut. Træningen skal have fokus på
at fastholde medarbejderen bedst muligt på arbejdspladsen /
arbejdsmarkedet.
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Coaching i forbindelse med forebyggelse af langtidssygefravær.
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79998000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:
Leverandøren stiller de for tjenesteydelsen gennemførelse nødvendige
lokaler til rådighed.
Maksimalt 1 times transporttid med offentlig transport fra Køge st. til
leverandørens lokaler.
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:
Køge Kommune vil give ledere med personaleansvar mulighed for at
visitere medarbejdere med forventet langtidssygefravær til en coaching.
Coaching skal have fokus på at fastholde medarbejderen bedst muligt på
arbejdspladsen / arbejdsmarkedet.
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2016
Del IV: Procedure
IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)Yderligere oplysninger:
Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i høringen, kræver
det online registrering i det elektroniske udbudssystem system CTM
(EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når
virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Køge
Kommunes udbud og annonceringer.
Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind og se
udbudsmaterialet.
Høringen kan tilgås gennem følgende link:
[7]https://eu.eu-supply.com/koege.asp
Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst
EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til
[8]support@eu-supply.com.
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von Zentralheizungen - DE-Friedberg
Installation von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 30673-2016 (ID: 2016012909034369744)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
DE-Friedberg: Installation von Zentralheizungen
2016/S 20/2016 30673
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale
Vergabe
Schützenrain 5-7
61169 Friedberg
DEUTSCHLAND
E-Mail: [6]info.vergabe-fb@hbm.hessen.de
Fax: +49 6031/167-126
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe.hessen.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[9]www.vergabe.hessen.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
OV-Heizung-2.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
34119 Kassel, Goethestraße 41 43.
NUTS-Code DE7
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (DIN 18 380);
A.0454.127292, KS, Goethestraße 41, Umbau Gerichte.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45331100
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
1 St. Heizkreisverteiler 14 Stutzen einschl. Zubehör;
6 St. Heizkreise einschl. Zubehör;
1 St. Enthärtungsanlage einschl. Zubehör;
5 280 lfdm Heizungsleitungen DN 15 125 einschl. Zubehör;
305 Flachheizkörper einschl. Zubehör;
68 St. Röhrenheizkörper einschl. Zubehör;
1 St. Luftschleieranlage einschl. Zubehör;
1 St. Winterbaubeheizung.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 6.6.2016. Abschluss 28.7.2017
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der
Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000
EUR beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der
Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
bei: [10]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:
Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Keine.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
bei: [11]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
Siehe Punkt III.2.1).
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines
nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im
Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des
Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige
Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen
Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich
bei: [12]https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
Siehe Punkt III.2.1).
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
VG-0454-2016-0074
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [13]2015/S 135-248816 vom 16.7.2015
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 5.2.2016
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 49 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Kostenpflicht besteht nur für
Anforderungen in Papierform bzw. auf Datenträger, für das Herunterladen
der Vergabeunterlagen von der elektronischen Vergabeplattform
[14]www.vergabe.hessen.de wird kein Entgelt erhoben.Empfänger: HCC
HBM, Geldinstitut: Landesbank Hessen Thüringen, IBAN: DE43 5005 0000
0001 0055 03, BIC: HELADEFFXXX. Als Verwendungszweck ist anzugeben:
Vergabenr. VG-0454-2016-0074.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.3.2016 - 09:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 30.5.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 3.3.2016 - 9:30
Ort:
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte, Zentrale
Vergabe, Schützenrain 5-7, 61169 Friedberg.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
und deren bevollmächtigte Vertreter.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf
die Rügepflichten gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird
ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 107 Abs. 3
Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit
nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht
abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.1.2016
References
6. mailto:info.vergabe-fb@hbm.hessen.de?subject=TED
7. http://www.vergabe.hessen.de/
8. http://www.vergabe.hessen.de/
9. http://www.vergabe.hessen.de/
10. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
11. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
12. https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf
13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248816-2015:TEXT:DE:HTML
14. http://www.vergabe.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Stromversorgung - PL-Krakau
Stromversorgung
Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
Dokument Nr...: 3073-2016 (ID: 2016010609104140434)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
PL-Krakau: Stromversorgung
2016/S 3/2016 3073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Rejonowy Zarzd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Zu Händen von: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLEN
Telefon: +48 261131040
E-Mail: [4]rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl
Fax: +48 261131306
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.rzikrakow.wp.mil.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
65310000, 09300000
Beschreibung
Stromversorgung.
Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
POLEN
E-Mail: [6]info@tauron-dystrybucja.pl
Telefon: +48 12612193
Internet-Adresse: [7]www.tauron-dystrybucja.pl
Fax: +48 122612019
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl?subject=TED
5. http://www.rzikrakow.wp.mil.pl/
6. mailto:info@tauron-dystrybucja.pl?subject=TED
7. http://www.tauron-dystrybucja.pl/
OT: 06/01/2016 S3 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Polska-Kraków: Przesy energii elektrycznej
2016/S 003-003073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarzd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 261131040
E-mail: [6]rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl
Faks: +48 261131306
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.rzikrakow.wp.mil.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: pastwowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci
prawnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: zarzdzanie nieruchomociami na zlecenie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dystrybucja energii elektrycznej do 35 obiektów zarzdzanych przez
Rejonowy Zarzd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85- obiekt przy
ul. Gowackiego 11, 30-085 Kraków.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Kraków.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usug dystrybucji energii
elektrycznej do obiektu zarzdzanego przez Rejonowy Zarzd
Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85 obiekt przy ul.
Gowackiego 11, 30-085 Kraków.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
65310000, 09300000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej rki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w zwizku z art. 67 ust. 3 pkt 1
lit. e ustawy Prawo zamówie publicznych. Usuga moe by wiadczona
tylko przez lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest
usuga przesyowa energii elektrycznej. Zamówienie moe by
zrealizowane tylko przez lokalnego dystrybutora, tj. TAURON Dystrybucja
S.A. z siedzib w Krakowie, który jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na terenie województwa maopolskiego.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
56/2015/ZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Dystrybucja enegii elektrycznej do 35 obiektów zarzdzanych
przez Rejonowy Zarzd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85
obiekt przy ul. Gowackiego 11, 30-085 Kraków
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
POLSKA
E-mail: [8]info@tauron-dystrybucja.pl
Tel.: +48 12612193
Adres internetowy: [9]www.tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 122612019
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten - FR-Villeneuve-d´Ascq
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 30773-2016 (ID: 2016012909053469868)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
FR-Villeneuve-d´Ascq: Bauarbeiten
2016/S 20/2016 30773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Vilogia
74 rue Jean Jaurès, CS 10430
Zu Händen von: Julien Dieu
59664 Villeneuve-d'Ascq
FRANKREICH
Telefon: +33 359356158
E-Mail: [4]julien.dieu@vilogia.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.vilogia.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000
Beschreibung
Bauarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 125 000 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1666 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
BATI RENOV
20 rue Christophe Colomb
94310 Orly
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 125 000 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:julien.dieu@vilogia.fr?subject=TED
5. http://www.vilogia.fr/
OT: 29/01/2016 S20 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Attribution de marché sans publication préalable
France-Villeneuve-d'Ascq: Travaux de construction
2016/S 020-030773
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Vilogia
74 rue Jean Jaurès, CS 10430
À l'attention de: Julien Dieu
59664 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE
Téléphone: +33 359356158
E-mail: [6]julien.dieu@vilogia.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.vilogia.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: SA HLM
I.3)Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
AO 1666 construction de 3 logements + réhabilitation de 8 logements à
Levallois Perret.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Code NUTS FR1
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
AO 1666 construction de 3 logements + réhabilitation de 8 logements à
Levallois Perret.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 1 125 000 EUR
Hors TVA
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
section 2 de lannexe D1)
Justification de lattribution du marché sans publication préalable
dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE
Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
Le marché ne relève pas du champ d'application de la directive
communautaire, le montant du marché étant inférieur au seuil de 5 186
000 EUR HT.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Offre de prix. Pondération 60
2. Valeur technique de l'offre. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
1666
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2016/S 10-012751 du 15.1.2016
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1666 Lot nº: 1 - Intitulé: TCE
V.1)Date d'attribution du marché:
12.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
BATI RENOV
20 rue Christophe Colomb
94310 Orly
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 1 125 000 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Lille
13 avenue du Peuple Belge
59000 Lille
FRANCE
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kücheneinrichtungen - SE-Kungsängen
Kücheneinrichtungen
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
Küchenbedarf
Geschirr
Lebensmittelbehälter
Wasserkanister
Isolierflaschen
Tabletts
Küchenutensilien
Löffel, Gabeln
Dokument Nr...: 30873-2016 (ID: 2016012909062169964)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
SE-Kungsängen: Kücheneinrichtungen
2016/S 20/2016 30873
Upplands-Bro kommun, 212000-0100, Furuhällsplan 1, Zu Händen von: Linda
Henriksson, Kungsängen 196 81, SCHWEDEN. E-Mail:
linda.henriksson@upplands-bro.se
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 27.1.2016, [1]2016/S
018-027450)
Betr.:
CPV:39221000, 39220000, 39221100, 39221110, 39221130, 39221140,
39221150, 39221160, 39221180, 39223000
Kücheneinrichtungen
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
Küchenbedarf
Geschirr
Lebensmittelbehälter
Wasserkanister
Isolierflaschen
Tabletts
Küchenutensilien
Löffel, Gabeln
Anstatt:
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
31.3.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
29.6.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
1.4.2016
muss es heißen:
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
10.3.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
8.6.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
.
Weitere zusätzliche Informationen
Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:027450-2016:TEXT:DE:HTML
2. http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
OT: 29/01/2016 S20 - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet
förfarande
Sverige-Kungsängen: Köksutrustning
2016/S 020-030873
Upplands-Bro kommun, 212000-0100, Furuhällsplan 1, Att: Linda
Henriksson, Kungsängen 196 81, SVERIGE. E-post:
linda.henriksson@upplands-bro.se
(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidnin, 27.1.2016,
[1]2016/S 018-027450)
Angående:
CPV:39221000, 39220000, 39221100, 39221110, 39221130, 39221140,
39221150, 39221160, 39221180, 39223000
Köksutrustning
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
Köksgeråd
Porslin
Matbehållare
Vattenbehållare
Termosflaskor
Brickor
Köksredskap
Skedar, gafflar
I stället för:
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
31.3.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
29.6.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
1.4.2016
Skall det stå:
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
10.3.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
8.6.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
.
Övriga ytterligare upplysningar
Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijlpkfn
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gardinen - UK-Edinburgh
Gardinen
Sichtschutz
Innenausstattungsartikel
Innenausstattungsartikel aus Textilstoffen
Dokument Nr...: 30973-2016 (ID: 2016012909224871419)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
UK-Edinburgh: Gardinen
2016/S 20/2016 30973
Vorinformation
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National
Services Scotland) (the Authority)
Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Kontaktstelle(n): National Procurement
Zu Händen von: Sharon Muir
EH12 9EB Edinburgh
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1698794467
E-Mail: [3]sharon.muir@nhs.net
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.
aspx?ID=AA11883
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
39515100, 39515400, 39516000, 39516100
Beschreibung
Gardinen .
Sichtschutz .
Innenausstattungsartikel .
Innenausstattungsartikel aus Textilstoffen .
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren
27.4.2016
References
3. mailto:sharon.muir@nhs.net?subject=TED
4. http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
5. http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883
OT: 29/01/2016 S20 - - Supplies - Prior Information Notice without
call for competition - Not applicable
United Kingdom-Edinburgh: Curtains
2016/S 020-030973
Prior information notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National
Services Scotland) (the Authority)
Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Contact point(s): National Procurement
For the attention of: Sharon Muir
EH12 9EB Edinburgh
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1698794467
E-mail: [5]sharon.muir@nhs.net
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[6]http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
Address of the buyer profile:
[7]http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.
aspx?ID=AA11883
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes
NHS Ayrshire and Arran
NHS Borders
NHS Dumfries and Galloway
NHS Fife
NHS Forth Valley
NHS Grampian
NHS Greater Glasgow and Clyde
NHS Highland
NHS Lanarkshire
NHS Lothian
NHS National Waiting Times Centre
NHS Orkney
NHS Shetland
NHS Tayside
NHS Western Isles
NHS Education for Scotland
NHS 24
Scottish Ambulance Service
The State Hospitals Board for Scotland
Healthcare Improvement Scotland
NHS Health Scotland
The Common Services Agency for the Scottish Health Service
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
NP801/16 Curtains and Blinds.
II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
Supplies
Any or all locations of all NHS Scotland Health Boards, all NHS
Scotland Special Health Boards and/or the Authority or other NHS
organisation established pursuant to the NHS (Scotland) Act 1978
(altogether hereinafter referred to as NHS Scotland).
NUTS code UKM
II.3)Information on framework agreement
II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
services:
Supply and fitting of Curtains and Blinds to NHS sites across mainland
Scotland and islands.
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
39515100, 39515400, 39516000, 39516100
II.6)Scheduled date for start of award procedures
27.4.2016
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.8)Additional information:
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
TBC.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
VI.2)Additional information:
We intend to hold market engagement meetings during February 2016, when
further information will be available from the commodity manager.
Please email [8]sharon.muir@nhs.net to state your interest in this
tender and arrange a meeting.
(SC Ref: 428227).
VI.3)Information on general regulatory framework
VI.4)Date of dispatch of this notice:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten - DE-Bochum
Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten
Dokument Nr...: 31073-2016 (ID: 2016012909100670187)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
DE-Bochum: Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten
2016/S 20/2016 31073
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Bochum, Zentrale Dienste, Einkauf
Willy-Brandt-Platz 2-6
Kontaktstelle(n): ZD 21 Einkauf
Zu Händen von: Frau Ulrike Malig
44777 Bochum
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 2349104448
E-Mail: [6]umalig@bochum.de
Fax: +49 234910794448
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]http://www.bochum.de
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[8]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Vergabemarktplatz
DEUTSCHLAND
Internet-Adresse: [9]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Stadt Bochum
Zentrale Dienste ZD 21
44777 Bochum
DEUTSCHLAND
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: ja
Interkommunaler Einkauf für Bochum, Dortmund, Essen und Hagen
Willy-Brandt-Platz 2-6
44777 Bochum
DEUTSCHLAND
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Lieferung von Hygienepapier für die Städte Dortmund, Essen, Hagen und
Bochum im Zeitraum vom 1.4.2016 31.3.2017.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Stadt Bochum, Zentrale Dienste,
Herner Str. 146,
44809 Bochum,
Stadt Dortmund, Stadt Essen, Stadt Hagen.
Weitere Leistungsorte:
1. Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum,
Viktoriastr. 15,
44135 Dortmund.
2. Stadt Essen, Amt für Zentralen Service,
Rathaus Porscheplatz,
45121 Essen.
3. Stadt Hagen, Zentraler Technischer Service,
Rathausstr. 11,
58095 Hagen.
NUTS-Code DEA51,DEA13,DEA52,DEA53
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Lieferung von ca. 1 710 720 Rollen Toilettenpapier und ca. 30 365
Kartons Falthandtuchpapier an rd. 970 verschiedene Verwendungsstellen
in den Stadtgebieten von Dortmund, Essen, Hagen und Bochum. Die
Lieferungen haben auf mehrfachen Abruf im Vertragszeitraum zu erfolgen.
Einzelheiten über die Bedingungen der beteiligten Städte sind den
Ausschreibungsunterlagen bzw. den Angaben zu den Losen in dieser
Auftragsbekanntmachung zu entnehmen. Die Vergabe erfolgt über 4
Vergabelose (je Stadt ein Los). Es können daher auch Angebote für
einzelne Lose abgegeben werden. Es ist mindestens ein Musterexemplar je
angebotenem Produkt unter Angabe des Herstellers einzureichen.
Unbemusterte Angebote werden nicht berücksichtigt.
Die angegebenen Mengen können im Gesamtwert je Los um 20 % über- oder
unterschritten werden.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33760000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Ca. 1 710 720 Rollen Toilettenpapier und ca. 30 365 Kartons
Falthandtuchpapier in 4 Losen.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.4.2016. Abschluss 31.3.2017
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Stadt Essen
1)Kurze Beschreibung
Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapier an ca. 400 Bedarfsstellen.
Eine Hauptlieferung, eine Zwischenlieferung und weitere Abrufe nach
Bedarf.
Besonderer Hinweis: Um Unfallgefahren weitgehend auszuschließen, dürfen
die Pausenhöfe der Schulen bei Schulbeginn, in den Pausenzeiten und bei
Schulschluss nicht in Sonderfällen nur mit äußerster Vorsicht
befahren werden.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33760000
3)Menge oder Umfang
544 000 Rollen Toilettenpapier,
7 000 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Stadt Dortmund
1)Kurze Beschreibung
Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapier an ca. 350 Bedarfsstellen.
Direktbelieferung nach Auftragserteilung. Ca. 890 Abrufe nach Bedarf.
Die Bestellung soll über das Lieferantenhandbuch der Stadt Dortmund
abgewickelt werden (s. Anlage Lieferantenhandbuch der Stadt Dortmund,
die den Angebotsunterlagen beigefügt sind). Die für diese Einstellung
benötigten Daten sind unverzüglich nach Auftragserteilung vom
Auftragnehmer bereitzustellen. Dabei sind die im beiliegenden
Lieferantenhandbuch aufgeführten Anforderungen einzuhalten.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33760000
3)Menge oder Umfang
640 000 Rollen Toilettenpapier,
14 700 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3 Bezeichnung: Stadt Hagen
1)Kurze Beschreibung
Lieferung von Toilettenpapier an ca. 122 Bedarfstellen und Lieferung
von Handtuchpapier an ca. 105 Bedarfsstellen. Die Auslieferung soll als
einmalige Hauptlieferung nach Auftragserteilung erfolgen.
Nachbestellungen erfolgen im Laufe des Abrufzeitraumes separat.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33760000
3)Menge oder Umfang
190 720 Rollen Toilettenpapier,
3 415 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4 Bezeichnung: Stadt Bochum
1)Kurze Beschreibung
Lieferung von Toiletten- und Handtuchpapeir an ca. 100 Bedarfsstellen
und das Materiallager der Stadt Bochum. Es erfolgen ca. 20 Abrufe.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33760000
3)Menge oder Umfang
336 000 Rollen Toilettenpapier,
5 250 Kartons a 5 000 Blatt Handtuchpapier.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Keine.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Die Zahlungs- und Lieferbedingungen der beteiligten Städte sind den
Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Diese stehen Ihnen auf dem
Vergabemarktplatz unter [10]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ zum
Download zur Verfügung.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Mit Abgabe des Angebotes sind
folgende Erklärungen abzugeben:
* Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG-NRW zur Beachtung der
ILO-Kernarbeitsnormen;
* Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Mit Unterzeichnung der ausgefüllten
Eigenerklärung sind die formalen Voraussetzungen zur Erteilung dieses
öffentlichen Auftrages erfüllt. Statt der Eigenerklärung wird auch die
Einreichung eines gültigen Präqualifizierungsnachweises gem. § 7 (4) EG
VOL/A anerkannt. Beruft sich der Bieter auf die Fähigkeiten eines
anderen Unternehmens ist die Eigenerklärung oder der
Präqualifizierungsnachweis dieses Unternehmens auf Verlangen
vorzulegen.
Die den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Eigenerklärung ist dem
Angebot ausgefüllt und unterschrieben beizufügen.
Mit der Eigenerklärung erklärt der Bieter u. a. den folgenden Inhalt:
1. Hiermit erkläre ich, dass über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren
oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt
wurde; ich befinde mich auch nicht in Liquidation.
2. Hiermit erkläre ich, dass ich keine Verfehlungen begangen habe, die
zur Eintragung ins Vergaberegister bei der Informationsstelle für
Vergabeausschlüsse des Landes Nordrhein-Westfalen nach
Korruptionsbekämpfungsgesetz geführt haben.
3. Hiermit erkläre ich, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss
von der Vergabe öffentlicher Aufträge nach § 19 (1) des Gesetzes zur
Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (MiLoG) für
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 21 (1 und 2) MiLoG nicht vorliegen.
Ich bin nicht mit einer Geldbuße von mindestens 2 500 EUR belegt
worden.
(Hinweis: Bei Aufträgen ab 30 000 EUR netto holt die Stadt Bochum vor
Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach §
150a der Gewerbeordnung ein.)
4. Hiermit erkläre ich, dass ich meiner Verpflichtung zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie von Sozialversicherungsbeiträgen nachkomme.
5. Hiermit erkläre ich, dass ich keine Arbeitskräfte illegal
beschäftige.
6. Hiermit erkläre ich, dass ich die Regelungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes beachte.
7. Hiermit erkläre ich im Sinne des § 16 (5), Satz 1 Tariftreue- und
Vergabegesetz NRW (TVgG), dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss
vom Wettbewerb gemäß § 13 (1) TVgG nicht vorliegen. (Hinweis: Diese
Erklärung ist von Bietern bzw. Teilnahmeinteressierten,
Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften abzugeben.)
8. Hiermit erkläre ich im Sinne des § 19 (1), Satz 3 TVgG, dass im
Falle der Auftragserteilung bei Ausführung des Auftrags das allgemeine
Gleichbehandlungsrecht beachtet wird. (Hinweis: Diese Erklärung ist von
Bietern bzw. Teilnahmeinteressierten mit mehr als 20 Beschäftigten
abzugeben; sofern Sie nicht mehr als 20 Beschäftigte haben, können Sie
diese Erklärung auch streichen).
Hinweis: Die Eigenerklärung dient auch als Checkliste zur Überprüfung
der Vollständigkeit des Angebotes.
Die Eigenerklärung steht Ihnen auf dem Vergabemarktplatz unter
[11]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ zum Download zur Verfügung.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Preis Toilettenpapier. Gewichtung 60
2. Reißfestigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 15
3. Saugfähigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 15
4. Griffigkeit Toilettenpapier. Gewichtung 10
5. Preis Handtuchpapier. Gewichtung 60
6. Saugfähigkeit Handtuchpapier. Gewichtung 20
7. Griffigkeit Handtuchpapier. Gewichtung 20
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
StBo ZD21 OV 04_2016
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 10.3.2016 - 23:59
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
10.3.2016 - 23:59
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 29.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
1. Unter [12]http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ finden Sie weitere
Informationen zum Verfahren. Dort können Sie
die Vergabeunterlagen für das Angebotsverfahren kostenlos anfordern und
herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen.
2. Falls zum Verfahren Fragen auftreten, sind diese ausschließlich über
die Kommunikationsebene der Vergabeplattform
einzureichen. Ihre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden
ausschließlich über die Kommunikationsebene allen
interessierten Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung gestellt. Die
Fragensteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym.
3. Digitale Angebote sind nicht zugelassen. Die Angebote sind der Stadt
Bochum auf dem Postweg im verschlossenen Umschlag mit der
vorgeschriebenen Adressierung und Bezeichnung zuzusenden:
Stadt Bochum, 44777 Bochum,
Angebot -bitte nicht öffnen-, Vergabeverfahren: StBo ZD21
OV 04_2016, Angebotsfrist: 10.3.2016.
Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSY52U.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Albrecht-Thaer-Str. 9
48147 Münster
DEUTSCHLAND
E-Mail: [13]vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: +49 2514111691
Internet-Adresse: [14]http://www.bezreg-muenster.nrw.de
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein
Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antragsteller
den aus seiner Sicht erfolgten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht
unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw.
Angebotsfrist, gegenüber der Stadt Bochum gerügt hat oder mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Stadt Bochum, einer Rüge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu im Einzelnen §
107 (3) GWB mit den dort festgelegten Rügefristen).
Die Stadt Bochum betrachtet eine Rüge als unverzüglich i. S. d.
§ 107 (3) Nr. 1 GWB, wenn der Bewerber/Bieter den vermeintlichen
Verstoß innerhalb von 5 Kalendertagen ab Kenntniserlangung gerügt hat.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25.1.2016
References
6. mailto:umalig@bochum.de?subject=TED
7. http://www.bochum.de/
8. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
9. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
10. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
11. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
12. http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
13. mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de?subject=TED
14. http://www.bezreg-muenster.nrw.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im Wohnungswesen - DE-Neuss
Dienstleistungen im Wohnungswesen
Dokument Nr...: 31173-2016 (ID: 2016012909110670289)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
DE-Neuss: Dienstleistungen im Wohnungswesen
2016/S 20/2016 31173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Zentrale Vergabestelle
Markt 2
Kontaktstelle(n): Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Zentrale
Vergabestelle
Zu Händen von: Fr. Rütten, Fr. Thiem, Hrn. Ludwig
41460 Neuss
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 2131902521
E-Mail: [6]vergabe@stadt.neuss.de
Fax: +49 2131902523
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [7]www.vergabe-neuss.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Errichtung von 2 Traglufthallen als Notunterkunft.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Neuss.
NUTS-Code DEA1D
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Errichtung von 2 Traglufthallen.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
70333000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
5092 und 5093
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Bezeichnung: TH651/12/Bau-2015-016576
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
4.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Paranet Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 42
10719 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [8]info@paranet-deutschland.de
Telefon: +49 3088774363
Fax: +49 30887743638
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
E-Mail: [9]vergabekammer@bdr.nrw.de
Telefon: +49 2114753131
Internet-Adresse: [10]www.bezreg-duesseldorf.nrw.de
Fax: +49 2114753989
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.1.2016
References
6. mailto:vergabe@stadt.neuss.de?subject=TED
7. http://www.vergabe-neuss.de/
8. mailto:info@paranet-deutschland.de?subject=TED
9. mailto:vergabekammer@bdr.nrw.de?subject=TED
10. http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Fotokopierer - FR-Saint-Avé
Fotokopierer
Wartung von Fotokopiergeräten
Dokument Nr...: 31273-2016 (ID: 2016012909115070387)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
FR-Saint-Avé: Fotokopierer
2016/S 20/2016 31273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Commune de Saint-Avé
Mairie de Saint-Avé, place de l'Hôtel de Ville
Zu Händen von: Madame le maire
56890 Saint-Avé
FRANKREICH
Telefon: +33 297607010
E-Mail: [4]fad@saint-ave.fr
Fax: +33 297445891
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: [5]https://marches.e-megalisbretagne.org
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30121100, 50313200
Beschreibung
Fotokopierer.
Wartung von Fotokopiergeräten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2016-001
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
COPY Concept
Zone de Bel Air, 11 rue de Bel Air
29700 Pluguffan
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:fad@saint-ave.fr?subject=TED
5. https://marches.e-megalisbretagne.org/
OT: 29/01/2016 S20 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Saint-Avé: Photocopieurs
2016/S 020-031273
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Commune de Saint-Avé
Mairie de Saint-Avé, place de l'Hôtel de Ville
À l'attention de: Madame le maire
56890 Saint-Avé
FRANCE
Téléphone: +33 297607010
E-mail: [6]fad@saint-ave.fr
Fax: +33 297445891
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur: [7]https://marches.e-megalisbretagne.org
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Achat de 3 copieurs et maintenance.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS FR524
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Achat de 3 copieurs et maintenance.
Marché traité à prix forfaitaire pour l'achat des 3 copieurs et à prix
unitaires pour la maintenance.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30121100, 50313200
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 60
2. Valeur technique. Pondération 30
3. Performances en matière de protection de l'environnement.
Pondération 5
4. Délai d'intervention. Pondération 5
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2016-001
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 247-449574 du 22.12.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2016-001 Intitulé: Achat de 3 copieurs et maintenance
V.1)Date d'attribution du marché:
8.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
COPY Concept
Zone de Bel Air, 11 rue de Bel Air
29700 Pluguffan
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Le marché est attribué à la société COPY Concept (29 Pluguffan) pour un
montant total de 24 847,70 EUR HT comprenant l'acquisition des 3
copieurs à 7 700 EUR HT et la maintenance sur 5 ans estimée à 17 147,70
EUR HT.
Le marché est consultable à l'adresse indiquée en entête dans le
respect des secrets protégés par la loi.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
3 contour de la Motte
35000 Rennes
FRANCE
Téléphone: +33 223212828
Adresse internet: [9]http://rennes.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 299635684
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends et
des litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble Skyline 22, mail Pablo Picasso BP 24209
44042 NANTES CEDEX 1
FRANCE
E-mail: [10]paysdl.ccira@directe.gouv.fr
Téléphone: +33 2537983
Fax: +33 2537979
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif
3 contour de la Motte
35000 Rennes
FRANCE
E-mail: [11]greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4)Date denvoi du présent avis:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kies, Sand, Schotter und Aggregate - SE-Göteborg
Kies, Sand, Schotter und Aggregate
Schotter und Kleinschlag
Makadam
Dokument Nr...: 31373-2016 (ID: 2016012909124970483)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
SE-Göteborg: Kies, Sand, Schotter und Aggregate
2016/S 20/2016 31373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Box 1111
Zu Händen von: Carolina Engelbrektsson
SE-405 23 Göteborg
SCHWEDEN
E-Mail: [4]carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
14210000, 14212300, 14213100
Beschreibung
Kies, Sand, Schotter und Aggregate.
Schotter und Kleinschlag.
Makadam.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
NCC Roads Aktiebolag
SE-170 80 Solna
SCHWEDEN
E-Mail: [5]goran.landgren@ncc.se
Internet-Adresse: [6]www.ncc.se
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Skanska Asfalt och Betong AB
Box 7073
SE-350 07 Växjö
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [7]www.skanska.se
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Swerock Aktiebolag
Box 1281
SE-262 24 Ängelholm
SCHWEDEN
E-Mail: [8]info@swerock.se
Internet-Adresse: [9]www.swerock.se
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sand- och grusaktiebolaget Jehander
Box 47124
SE-100 74 Stockholm
SCHWEDEN
E-Mail: [10]per.astrom@jehander.se
Internet-Adresse: [11]www.jehander.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Skanska Asfalt och Betong AB
Box 7073
SE-350 07 Växjö
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [12]www.skanska.se
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se?subject=TED
5. mailto:goran.landgren@ncc.se?subject=TED
6. http://www.ncc.se/
7. http://www.skanska.se/
8. mailto:info@swerock.se?subject=TED
9. http://www.swerock.se/
10. mailto:per.astrom@jehander.se?subject=TED
11. http://www.jehander.com/
12. http://www.skanska.se/
OT: 29/01/2016 S20 - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
förfarande
Sverige-Göteborg: Grus, sand, krossad sten och ballast
2016/S 020-031373
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Varor
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Box 1111
Att: Carolina Engelbrektsson
SE-405 23 Göteborg
SVERIGE
E-post: [6]carolina.engelbrektsson@uhb.goteborg.se
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Bergskrossprodukter.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Göteborg.
NUTS-kod SE232
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Ramavtalen avser bergskrossprodukter såsom bärlager, slitlager,
förstärkningslager och makadamprodukter m.m.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
14210000, 14212300, 14213100
II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
278/15
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
Meddelande om upphandling
Meddelandenummer i EUT: [7]2015/S 208-377188 av den 27.10.2015
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1 Benämning: NCC Roads Aktiebolag
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
NCC Roads Aktiebolag
SE-170 80 Solna
SVERIGE
E-post: [8]goran.landgren@ncc.se
Internetadress: [9]www.ncc.se
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Benämning: Skanska Asfalt och Betong AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Skanska Asfalt och Betong AB
Box 7073
SE-350 07 Växjö
SVERIGE
Internetadress: [10]www.skanska.se
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Benämning: Swerock Aktiebolag
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Swerock Aktiebolag
Box 1281
SE-262 24 Ängelholm
SVERIGE
E-post: [11]info@swerock.se
Internetadress: [12]www.swerock.se
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 4 Benämning: Sand- och grusaktiebolaget Jehander
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Sand- och grusaktiebolaget Jehander
Box 47124
SE-100 74 Stockholm
SVERIGE
E-post: [13]per.astrom@jehander.se
Internetadress: [14]www.jehander.com
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 5 Benämning: Skanska Asfalt och Betong AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Skanska Asfalt och Betong AB
Box 7073
SE-350 07 Växjö
SVERIGE
Internetadress: [15]www.skanska.se
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
Visma TendSign-annons: [16]http://www.opic.com/notice.asp?req=dizzhjls
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - PL-Zabrze
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Schneeräumung
Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
Dokument Nr...: 31473-2016 (ID: 2016012909135270583)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
PL-Zabrze: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
2016/S 20/2016 31473
Miasto Zabrze Miejski Zarzd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
ul. Piastowska 11, Zu Händen von: Paulina Godlewska, Zabrze 41-800,
POLEN. Telefon: +48 322776800. Fax: +48 322776801. E-Mail:
sekretariat@mzdii.zabrze.pl
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.1.2016, [1]2016/S
017-025992)
Betr.:
CPV:77310000, 90620000, 90610000
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Schneeräumung
Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
Anstatt:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
posiadania wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy
i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2
oraz
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych lub przekroczenie terminu
realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie
wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
sposób naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
(realizowane odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
dostpnych Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 1 szt.
samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 2
szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku 1 szt.
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony 1
szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
architektury krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
lub te podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
zamawiajcego warunku.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
udziau w postpowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
posiadania wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 20 000 m2
oraz
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej
oraz zimowego i letniego utrzymania chodników w okresie trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy z tego okresu w celu zweryfikowania
rzetelnoci, kwalifikacji, efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy.
Jeli wykonawca nie wykona lub wykona nienaleycie jedn lub wicej
usug, gdzie przez nienaleyte wykonanie rozumie si nieosignicie
parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytuu kar umownych lub
przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego
terminu zostanie wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
sposób naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
(realizowane odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
dostpnych Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 1 szt.
samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 2
szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony 1
szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
architektury krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
lub te podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
zamawiajcego warunku.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
udziau w postpowaniu.
muss es heißen:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalnoci konieczne
do dokonania oceny speniania
wymogów:
W celu wykazania speniania przez
Wykonawc
warunków w zakresie posiadania
wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania
odpowiednim
potencjaem technicznym i osobami
zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca
przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w
przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie
wykonywanych,
gównych usug, w okresie ostatnich
trzech lat
przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli
okres prowadzenia dziaalnoci jest
krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usugi
zostay wykonane, wraz z
zaczeniem dowodów, czy
zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Na
potwierdzenie spenienia warunku
wiedzy
i dowiadczenia Wykonawca jest
zobowizany wykaza
si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert,
a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z
podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
ramach jednej lub kilku usug)
o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
chodników naley rozumie odnieanie
i zamiatanie chodników.
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan,
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
250.000,00 PLN brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi
zostay wykonane
lub s wykonywane w sposób
naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usug okresowych
lub cigych
powiadczenie powinno by wydane
nie wczeniej ni
na 3 miesice przed upywem
terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyska powiadczenia,
o którym mowa w
pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest
podmiotem, na
rzecz którego usugi wskazane w
wykazie zostay
wczeniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowizku
przedkadania dowodów, o których
mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej
Zamawiajcy uzna
nastpujce prace (realizowane
odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i
odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i
pielgnacyjne drzew
starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na
powierzonym
terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia
zakadu i urzdze
technicznych dostpnych
Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj o
podstawie dysponowania tymi
zasobami (Zacznik nr
6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton
1 szt.
samochód samowyadowczy o
dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton 2 szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku -
1 szt.
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do
lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania
o masie
cakowitej do 3,5 tony 1 szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w
szczególnoci odpowiedzialnych za
wiadczenie usug
i kontrol jakoci wraz z informacjami
na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
dowiadczenia i wyksztacenia
niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take
zakresu wykonywanych przez nich
czynnoci oraz
informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
które bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday
nastpujce kwalifikacje zawodowe,
dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres
wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub architektury
krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prace
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie kierowania robotami dot.
konserwacji terenów
zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku ogrodniczym lub ksztatowanie
terenów zielonych, bd
ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew
i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prac
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie nadzorowania nad robotami
dot. konserwacji
terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale
lub kopii
powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez
wykonawc. W przypadku skadania
elektronicznych
dokumentów powinny by one
opatrzone przez
wykonawc bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na
zasadach okrelonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczcych
odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów s powiadczane
za zgodno
z oryginaem odpowiednio przez
wykonawc lub te
podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie
moe przedstawi dokumentów
dotyczcych sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez
zamawiajcego, moe przedstawi
inny dokument,
który w wystarczajcy sposób
potwierdza spenianie
opisanego przez zamawiajcego
warunku.
Wykonawca moe polega na
wiedzy i dowiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia,
zdolnociach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowizany jest
udowodni zamawiajcemu, i
bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w
szczególnoci przedstawiajc w tym
celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobów na
potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiza si
do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych
wyej, odpowiada solidarnie z
wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek
nieudostpnienia
tych zasobów, chyba e za
nieudostpnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc
spenianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach okrelonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te bd bray
udzia w realizacji czci
zamówienia, zamawiajcy
da od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do
tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego
rejestru, jeeli
odrbne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem
terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu
o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych
owiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej
s skadane w
oryginalne lub kopii i powiadczane
za zgodno
z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce
wykonawcy odpowiednio potencja
techniczny,
osoby zdolne do wykonania
zamówienia, wiedz i
dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z
zapisami paragrafu 7
Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moe da
Zamawiajcy od
Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mog by
skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
o udzielenie zamówienia musz dostarczy
dokumenty,
potwierdzajce, e cznie speniaj
warunki udziau w
postpowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeeli dotyczy)
W celu wykazania speniania przez
Wykonawc
warunków w zakresie posiadania
wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania
odpowiednim
potencjaem technicznym i osobami
zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca
przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w
przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie
wykonywanych,
gównych usug, w okresie ostatnich
trzech lat
przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli
okres prowadzenia dziaalnoci jest
krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usugi
zostay wykonane, wraz z
zaczeniem dowodów,
czy zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie.
Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy i
dowiadczenia Wykonawca jest
zobowizany wykaza
si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert,
a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z
podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
ramach jednej lub kilku usug)
o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
chodników naley rozumie odnieanie
i zamiatanie chodników.
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan,
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
250.000,00 PLN brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi
zostay wykonane
lub s wykonywane w sposób
naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usug okresowych
lub cigych
powiadczenie powinno by wydane
nie wczeniej ni
na 3 miesice przed upywem
terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyska powiadczenia,
o którym mowa w
pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest
podmiotem, na
rzecz którego usugi wskazane w
wykazie zostay
wczeniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowizku
przedkadania dowodów, o których
mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej
Zamawiajcy uzna
nastpujce prace (realizowane
odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i
odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i
pielgnacyjne drzew
starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na
powierzonym
terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia
zakadu i urzdze
technicznych dostpnych
Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj o
podstawie dysponowania tymi
zasobami (Zacznik nr
6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton
1 szt.
samochód samowyadowczy o
dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton 2 szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do
lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania
o masie
cakowitej do 3,5 tony 1 szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w
szczególnoci odpowiedzialnych za
wiadczenie usug
i kontrol jakoci wraz z informacjami
na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
dowiadczenia i wyksztacenia
niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take
zakresu wykonywanych przez nich
czynnoci oraz
informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
które bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday
nastpujce kwalifikacje zawodowe,
dowiadczenie i wyksztacenie oraz zakres
wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub architektury
krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prace
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie kierowania robotami dot.
konserwacji terenów
zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub ksztatowanie
terenów zielonych, bd
ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew
i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prac
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie nadzorowania nad robotami
dot. konserwacji
terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale
lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez
wykonawc. W przypadku skadania
elektronicznych
dokumentów powinny by one
opatrzone przez
wykonawc bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na
zasadach okrelonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczcych
odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów s powiadczane
za zgodno
z oryginaem odpowiednio przez
wykonawc lub te
podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie
moe przedstawi dokumentów
dotyczcych sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez
zamawiajcego, moe przedstawi
inny dokument,
który w wystarczajcy sposób
potwierdza spenianie
opisanego przez zamawiajcego
warunku.
Wykonawca moe polega na
wiedzy i dowiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia,
zdolnociach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i
bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w
szczególnoci przedstawiajc w tym
celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobów na
potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiza si
do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych
wyej, odpowiada solidarnie z
wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek
nieudostpnienia
tych zasobów, chyba e za
nieudostpnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc
spenianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach okrelonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te bd bray
udzia w realizacji czci
zamówienia, zamawiajcy
da od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do
tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego
rejestru, jeeli
odrbne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem
terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu
o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
owiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej
s skadane w
oryginalne lub kopii i powiadczane
za zgodno
z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce
wykonawcy odpowiednio potencja
techniczny,
osoby zdolne do wykonania
zamówienia, wiedz i
dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z
zapisami paragrafu 7
Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moe da
Zamawiajcy od
Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mog by
skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
o udzielenie
zamówienia musz dostarczy
dokumenty,
potwierdzajce, e cznie speniaj
warunki udziau w
postpowaniu.
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:025992-2016:TEXT:DE:HTML
OT: 29/01/2016 S20 - - Usugi - Dodatkowe informacje - Procedura
otwarta
Polska-Zabrze: Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
2016/S 020-031473
Miasto Zabrze Miejski Zarzd Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
ul. Piastowska 11, Osoba do kontaktów: Paulina Godlewska, Zabrze
41-800, POLSKA. Tel.: +48 322776800. Faks: +48 322776801. E-mail:
sekretariat@mzdii.zabrze.pl
(Suplement do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej, 26.1.2016,
[1]2016/S 017-025992)
Przedmiot zamówienia:
CPV:77310000, 90620000, 90610000
Usugi sadzenia rolin oraz utrzymania terenów zielonych
Usugi odnieania
Usugi sprztania i zamiatania ulic
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
posiadania wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy
i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2
oraz
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych lub przekroczenie terminu
realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie
wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
sposób naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
(realizowane odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
dostpnych Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 1 szt.
samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 2
szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku 1 szt.
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony 1
szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
architektury krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
lub te podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
zamawiajcego warunku.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
udziau w postpowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania speniania przez Wykonawc warunków w zakresie
posiadania wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych
równie wykonywanych, gównych usug, w okresie ostatnich trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usugi zostay wykonane, wraz z zaczeniem dowodów, czy zostay
wykonane lub s wykonywane naleycie. Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy i dowiadczenia Wykonawca jest zobowizany wykaza si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników na powierzchni nie mniejszej ni 20 000 m2
oraz
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan, usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug w zakresie
pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni 250.000,00 PLN
brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej
oraz zimowego i letniego utrzymania chodników w okresie trzech lat
przed upywem terminu skadania ofert, a jeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy z tego okresu w celu zweryfikowania
rzetelnoci, kwalifikacji, efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy.
Jeli wykonawca nie wykona lub wykona nienaleycie jedn lub wicej
usug, gdzie przez nienaleyte wykonanie rozumie si nieosignicie
parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytuu kar umownych lub
przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego
terminu zostanie wykluczony z postpowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi zostay wykonane lub s wykonywane w
sposób naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych usug
okresowych lub cigych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej
ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane w wykazie zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowizku przedkadania dowodów, o których mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej Zamawiajcy uzna nastpujce prace
(realizowane odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i pielgnacyjne drzew starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na powierzonym terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych
dostpnych Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania
tymi zasobami (Zacznik nr 6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 1 szt.
samochód samowyadowczy o dopuszczalnej masie cakowitej do 5 ton 2
szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania o masie cakowitej do 3,5 tony 1
szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug i
kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday nastpujce kwalifikacje zawodowe, dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
architektury krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prace podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie kierowania
robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w kierunku ogrodniczym lub
ksztatowanie terenów zielonych, bd ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci: nadzór nad prac podlegego zespou,
organizacja pracy i stay nadzór nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych, nadzór nad prawidowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk
ogrodnicz, dbao o zapewnienie odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie dowiadczenie w zakresie nadzorowania
nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez wykonawc. W przypadku skadania elektronicznych
dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
s powiadczane za zgodno z oryginaem odpowiednio przez wykonawc
lub te podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi
dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w
wystarczajcy sposób potwierdza spenianie opisanego przez
zamawiajcego warunku.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych wyej, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów, chyba e
za nieudostpnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej s skadane w oryginalne lub kopii i
powiadczane za zgodno z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce wykonawcy odpowiednio potencja techniczny, osoby zdolne
do wykonania zamówienia, wiedz i dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty
mog by skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia musz
dostarczy dokumenty, potwierdzajce, e cznie speniaj warunki
udziau w postpowaniu.
Powinno by:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalnoci konieczne
do dokonania oceny speniania
wymogów:
W celu wykazania speniania przez
Wykonawc
warunków w zakresie posiadania
wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania
odpowiednim
potencjaem technicznym i osobami
zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca
przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w
przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie
wykonywanych,
gównych usug, w okresie ostatnich
trzech lat
przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli
okres prowadzenia dziaalnoci jest
krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usugi
zostay wykonane, wraz z
zaczeniem dowodów, czy
zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Na
potwierdzenie spenienia warunku
wiedzy
i dowiadczenia Wykonawca jest
zobowizany wykaza
si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert,
a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z
podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
ramach jednej lub kilku usug)
o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
chodników naley rozumie odnieanie
i zamiatanie chodników.
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan,
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
250.000,00 PLN brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi
zostay wykonane
lub s wykonywane w sposób
naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usug okresowych
lub cigych
powiadczenie powinno by wydane
nie wczeniej ni
na 3 miesice przed upywem
terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyska powiadczenia,
o którym mowa w
pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest
podmiotem, na
rzecz którego usugi wskazane w
wykazie zostay
wczeniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowizku
przedkadania dowodów, o których
mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej
Zamawiajcy uzna
nastpujce prace (realizowane
odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i
odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i
pielgnacyjne drzew
starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na
powierzonym
terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia
zakadu i urzdze
technicznych dostpnych
Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj o
podstawie dysponowania tymi
zasobami (Zacznik nr
6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton
1 szt.
samochód samowyadowczy o
dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton 2 szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku -
1 szt.
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do
lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania
o masie
cakowitej do 3,5 tony 1 szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w
szczególnoci odpowiedzialnych za
wiadczenie usug
i kontrol jakoci wraz z informacjami
na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
dowiadczenia i wyksztacenia
niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take
zakresu wykonywanych przez nich
czynnoci oraz
informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
które bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday
nastpujce kwalifikacje zawodowe,
dowiadczenie i
wyksztacenie oraz zakres
wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub architektury
krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prace
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie kierowania robotami dot.
konserwacji terenów
zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku ogrodniczym lub ksztatowanie
terenów zielonych, bd
ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew
i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prac
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie nadzorowania nad robotami
dot. konserwacji
terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale
lub kopii
powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez
wykonawc. W przypadku skadania
elektronicznych
dokumentów powinny by one
opatrzone przez
wykonawc bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na
zasadach okrelonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczcych
odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów s powiadczane
za zgodno
z oryginaem odpowiednio przez
wykonawc lub te
podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie
moe przedstawi dokumentów
dotyczcych sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez
zamawiajcego, moe przedstawi
inny dokument,
który w wystarczajcy sposób
potwierdza spenianie
opisanego przez zamawiajcego
warunku.
Wykonawca moe polega na
wiedzy i dowiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia,
zdolnociach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowizany jest
udowodni zamawiajcemu, i
bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w
szczególnoci przedstawiajc w tym
celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobów na
potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiza si
do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych
wyej, odpowiada solidarnie z
wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek
nieudostpnienia
tych zasobów, chyba e za
nieudostpnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc
spenianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach okrelonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te bd bray
udzia w realizacji czci
zamówienia, zamawiajcy
da od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do
tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego
rejestru, jeeli
odrbne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem
terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu
o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych
owiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej
s skadane w
oryginalne lub kopii i powiadczane
za zgodno
z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce
wykonawcy odpowiednio potencja
techniczny,
osoby zdolne do wykonania
zamówienia, wiedz i
dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z
zapisami paragrafu 7
Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moe da
Zamawiajcy od
Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mog by
skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
o udzielenie zamówienia musz dostarczy
dokumenty,
potwierdzajce, e cznie speniaj
warunki udziau w
postpowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeeli dotyczy)
W celu wykazania speniania przez
Wykonawc
warunków w zakresie posiadania
wiedzy
i dowiadczenia oraz dysponowania
odpowiednim
potencjaem technicznym i osobami
zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca
przedstawi
dokumenty:
A) wykaz wykonanych, a w
przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie
wykonywanych,
gównych usug, w okresie ostatnich
trzech lat
przed upywem terminu skadania
ofert, a jeeli
okres prowadzenia dziaalnoci jest
krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usugi
zostay wykonane, wraz z
zaczeniem dowodów,
czy zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie.
Na potwierdzenie spenienia
warunku wiedzy i
dowiadczenia Wykonawca jest
zobowizany wykaza
si:
1) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan polegajc na zimowym i
letnim utrzymaniu chodników w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert,
a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z
podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy dowody (Zaczniki nr
3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.
Wykonawca winien wykaza si zimowym i letnim utrzymaniem chodników (w
ramach jednej lub kilku usug)
o cznej powierzchni 10.000 m2. Przez zimowe i letnie utrzymanie
chodników naley rozumie odnieanie
i zamiatanie chodników.
2) nie mniej ni 1 (jedn) wykonan usug, a w przypadku wiadcze
okresowych lub cigych równie wykonywan,
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej w okresie ostatnich trzech
lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Zacznik nr 3) oraz zaczy
dowody (Zaczniki nr 3.(1-n)), czy usugi te zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie. Warto jednej lub kilku usug wykazywanych w
zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej nie moe by nisza ni
250.000,00 PLN brutto.
W wykazie naley wskaza równie informacj o usugach niewykonanych
lub wykonanych nienaleycie
w zakresie pielgnacji zieleni przyulicznej oraz zimowego i letniego
utrzymania chodników w okresie trzech lat przed upywem terminu
skadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy
z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelnoci, kwalifikacji,
efektywnoci i dowiadczenia wykonawcy. Jeli wykonawca nie wykona lub
wykona nienaleycie jedn lub wicej usug, gdzie przez nienaleyte
wykonanie rozumie si nieosignicie parametrów gwarantowanych i
poniesienie z tego tytuu kar umownych w wysokoci przekraczajcej 15 %
wartoci danej umowy zostanie wykluczony z postpowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Dowodami okrelajcymi czy usugi
zostay wykonane
lub s wykonywane w sposób
naleyty s:
1) powiadczenie, z tym e w
odniesieniu do nadal
wykonywanych usug okresowych
lub cigych
powiadczenie powinno by wydane
nie wczeniej ni
na 3 miesice przed upywem
terminu skadania ofert;
2) owiadczenie wykonawcy jeeli
z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyska powiadczenia,
o którym mowa w
pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiajcy jest
podmiotem, na
rzecz którego usugi wskazane w
wykazie zostay
wczeniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowizku
przedkadania dowodów, o których
mowa wyej.
Za pielgnacj zieleni przyulicznej
Zamawiajcy uzna
nastpujce prace (realizowane
odrbnie lub cznie):
1. koszenie trawników;
2. zakadanie trawników;
3. nasadzenia drzew i krzewów wraz
z ich pielgnacj;
4. cicia pielgnacyjne i
odmadzajce krzewów;
5. cicia przewietlajce i
pielgnacyjne drzew
starszych;
6. wygrabianie i wywóz lici;
7. biece utrzymanie czystoci na
powierzonym
terenie.
B) wykaz narzdzi, wyposaenia
zakadu i urzdze
technicznych dostpnych
Wykonawcy usug
w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj o
podstawie dysponowania tymi
zasobami (Zacznik nr
6), obejmujcy nie mniej ni:
cignik koowy 1 szt.
przyczepa o dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton
1 szt.
samochód samowyadowczy o
dopuszczalnej masie
cakowitej do 5 ton 2 szt.
kosiarka doczepna 1 szt.
kosiarka doczepna na wysigniku
wykaszarka 5 szt.
urzdzenie ssco zbierajce do
lici, odpadów 1 szt.
pilarka 1 szt.
sprzt mechaniczny do odnieania
o masie
cakowitej do 3,5 tony 1 szt.
zamiatarki chodnikowe 2 szt
C) wykaz osób (Zacznik nr 4), które
bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia, w
szczególnoci odpowiedzialnych za
wiadczenie usug
i kontrol jakoci wraz z informacjami
na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
dowiadczenia i wyksztacenia
niezbdnych do wykonania
zamówienia, a take
zakresu wykonywanych przez nich
czynnoci oraz
informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
Zamawiajcy wymaga, aby osoby,
które bd
uczestniczy w wykonywaniu
zamówienia posiaday
nastpujce kwalifikacje zawodowe,
dowiadczenie i wyksztacenie oraz zakres
wykonywanych czynnoci:
1) Kierownik zadania: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub architektury
krajobrazu;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prace
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug;
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie kierowania robotami dot.
konserwacji terenów
zieleni miejskiej.
2) Brygadzista: min. 1 osoba
wyksztacenie rednie lub wysze w
kierunku
ogrodniczym lub ksztatowanie
terenów zielonych, bd
ukoczony kurs III stopnia w
zakresie pielgnacji drzew
i krzewów ozdobnych;
zakres wykonywanych czynnoci:
nadzór nad prac
podlegego zespou, organizacja
pracy i stay nadzór
nad pracami wykonywanymi przez
podwadnych,
nadzór nad prawidowym
wykonaniem prac zgodnie
ze sztuk ogrodnicz, dbao o
zapewnienie
odpowiedniej jakoci usug
dowiadczenie: min. 3 letnie
dowiadczenie w
zakresie nadzorowania nad robotami
dot. konserwacji
terenów zieleni miejskiej.
Dokumenty s skadane w oryginale
lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez
wykonawc. W przypadku skadania
elektronicznych
dokumentów powinny by one
opatrzone przez
wykonawc bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na
zasadach okrelonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczcych
odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów s powiadczane
za zgodno
z oryginaem odpowiednio przez
wykonawc lub te
podmioty.
Jeeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie
moe przedstawi dokumentów
dotyczcych sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez
zamawiajcego, moe przedstawi
inny dokument,
który w wystarczajcy sposób
potwierdza spenianie
opisanego przez zamawiajcego
warunku.
Wykonawca moe polega na
wiedzy i dowiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia,
zdolnociach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z
nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i
bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w
szczególnoci przedstawiajc w tym
celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do
dyspozycji niezbdnych zasobów na
potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiza si
do udostpnienia zasobów na
zasadach okrelonych
wyej, odpowiada solidarnie z
wykonawc za szkod
zamawiajcego powsta wskutek
nieudostpnienia
tych zasobów, chyba e za
nieudostpnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeli Wykonawca wykazujc
spenianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach okrelonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te bd bray
udzia w realizacji czci
zamówienia, zamawiajcy
da od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do
tych podmiotów nastpujcych
dokumentów:
1) owiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia;
2) aktualnego odpisu z waciwego
rejestru, jeeli
odrbne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem
terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu
o udzielenie zamówienia albo
skadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
owiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyej
s skadane w
oryginalne lub kopii i powiadczane
za zgodno
z oryginaem przez inne podmioty
udostpniajce
wykonawcy odpowiednio potencja
techniczny,
osoby zdolne do wykonania
zamówienia, wiedz i
dowiadczenie oraz zdolnoci
finansowe zgodnie z
zapisami paragrafu 7
Rozporzdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moe da
Zamawiajcy od
Wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mog by
skadane (Dz. U. z 2013r. poz. 231).
Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si
o udzielenie
zamówienia musz dostarczy
dokumenty,
potwierdzajce, e cznie speniaj
warunki udziau w
postpowaniu.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
przetargowej.
Wicej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Versicherungen - SE-Haparanda
Versicherungen
Transportversicherungen
Frachtversicherungen
Schaden- oder Verlustversicherungen
Vermögensversicherungen
Dokument Nr...: 31573-2016 (ID: 2016012909150970692)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
SE-Haparanda: Versicherungen
2016/S 20/2016 31573
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Haparanda kommun
Torget 9
Zu Händen von: Monica Perdahl Täikkö
SE-953 85 Haparanda
SCHWEDEN
Telefon: +46 92226083
E-Mail: [4]monica.taikko@haparanda.se
Weitere Auskünfte erteilen: Faval Försäkring i Norr AB
Box 73
Kontaktstelle(n): Faval Försäkring i Norr AB
Zu Händen von: Per Ahlin
SE-941 22 Piteå
SCHWEDEN
Telefon: +46 703888771
E-Mail: [5]per.ahlin@faval.nu
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Faval Försäkring i Norr AB
Box 73
Zu Händen von: Per Ahlin
SE-941 22 Piteå
SCHWEDEN
Telefon: +46 703888771
E-Mail: [6]per.ahlin@faval.nu
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Haparanda kommun
Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
Kontaktstelle(n): Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
Zu Händen von: Monica Perdahl Täikkö
SE-953 85 Haparanda
SCHWEDEN
Telefon: +46 92226083
E-Mail: [7]monica.taikko@haparanda.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66510000, 66514100, 66514200, 66515000, 66515200
Beschreibung
Versicherungen.
Transportversicherungen.
Frachtversicherungen.
Schaden- oder Verlustversicherungen.
Vermögensversicherungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.3.2016 - 23:59
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:monica.taikko@haparanda.se?subject=TED
5. mailto:per.ahlin@faval.nu?subject=TED
6. mailto:per.ahlin@faval.nu?subject=TED
7. mailto:monica.taikko@haparanda.se?subject=TED
OT: 29/01/2016 S20 - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Haparanda: Försäkringar
2016/S 020-031573
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Haparanda kommun
Torget 9
Att: Monica Perdahl Täikkö
SE-953 85 Haparanda
SVERIGE
Telefon: +46 92226083
E-post: [6]monica.taikko@haparanda.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Faval Försäkring i Norr AB
Box 73
Kontaktpunkt(er): Faval Försäkring i Norr AB
Att: Per Ahlin
SE-941 22 Piteå
SVERIGE
Telefon: +46 703888771
E-post: [7]per.ahlin@faval.nu
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Faval Försäkring i Norr AB
Box 73
Att: Per Ahlin
SE-941 22 Piteå
SVERIGE
Telefon: +46 703888771
E-post: [8]per.ahlin@faval.nu
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Haparanda kommun
Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
Kontaktpunkt(er): Kommunledningsförvaltningen/Upphandling
Att: Monica Perdahl Täikkö
SE-953 85 Haparanda
SVERIGE
Telefon: +46 92226083
E-post: [9]monica.taikko@haparanda.se
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Försäkringsanbud 2016 Haparanda kommun.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 6: Finansiella tjänster a) Försäkringstjänster b)
Bank- och investeringstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Haparanda.
NUTS-kod SE332
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser kommunförsäkring egendom och ansvar, transport och
utställning, skogsförsäkring, fordonsförsäkring, olycksfallsförsäkring,
tjänstereseförsäkring, saneringsavtal mot skadedjur och insekter, samt
egendom och ansvar med tilläggsförsäkringar för Bottenvikens
reningsverk.
För denna anbudsprocess använder sig inköparen av Mercell Sourcing
Service. För att meddela ditt intresse samt att få tillgång till
samtliga dokument, klicka på nedanstående länk eller kopiera den och
klistra in i din webbläsare.
[10]http://permalink.mercell.com/56182050.aspx
Följ därefter instruktionerna på webbsidan.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
66510000, 66514100, 66514200, 66515000, 66515200
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
A. Egendom och Ansvar samt till dessa kopplade tilläggsförsäkringar,
B. Olycksfallförsäkring,
C. Fordonsavtal,
D. Husbocksförsäkring/Saneringsavtal,
E. Tjänstereseförsäkring (Gemensamt med Bottenvikens Reningsverk AB),
F. Utställnings- och transportförsäkring,
G. Skogsförsäkring.
II.2.2)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen: Kontraktsperiodens längd är 1-4 år med möjlighet till
1 års förlängning s.k. optionsår.
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.4.2016.
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
16.3.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.5.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 17.3.2016 - 10:00
Plats:
Haparanda kommunförvaltning.
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
SE-971 26 Luleå
SVERIGE
E-post: [11]forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Entwicklung von kundenspezifischer Software - UK-London
Entwicklung von kundenspezifischer Software
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Entwicklung von Transaktionsverarbeitungssoftware und kundenspezifischer Software
Systemanalyse und Programmierung
Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
Dienstleistungen in Verbindung mit Software
Datendienste
Internetdienste
Datenverarbeitungsdienste
Computerunterstützung und -beratung
Computernetze
Dokument Nr...: 31673-2016 (ID: 2016012909154070782)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
UK-London: Entwicklung von kundenspezifischer Software
2016/S 20/2016 31673
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
FSCS Limited
10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph Street
Kontaktstelle(n): Procurement Team
EC3A 7QU London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail: [4]Procurement@fscs.org.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.fscs.org.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72230000, 72000000, 72232000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000,
72400000, 72500000, 72600000, 72700000
Beschreibung
Entwicklung von kundenspezifischer Software.
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
Entwicklung von Transaktionsverarbeitungssoftware und
kundenspezifischer Software.
Systemanalyse und Programmierung.
Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste.
Dienstleistungen in Verbindung mit Software.
Datendienste.
Internetdienste.
Datenverarbeitungsdienste.
Computerunterstützung und -beratung.
Computernetze.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
24.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:Procurement@fscs.org.uk?subject=TED
5. http://www.fscs.org.uk/
OT: 29/01/2016 S20 - - Services - Contract notice - Open procedure
United Kingdom-London: Custom software development services
2016/S 020-031673
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
FSCS Limited
10th Floor Beaufort House, 15 St Botolph Street
Contact point(s): Procurement Team
EC3A 7QU London
UNITED KINGDOM
E-mail: [6]Procurement@fscs.org.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]http://www.fscs.org.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Economic and financial affairs
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
FSCS263 Application Development and Maintenance Services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 7: Computer and related services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
UKI.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in months: 36
Estimated total value of purchases for the entire duration of the
framework agreement
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 and 8 000 000 GBP
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
The FSCS is seeking to establish a strategic partnership for
Application Development and Maintenance (ADAM) services for its
application estate. There are currently 5 core systems/technologies in
scope for ADAM services:-
1) Oracle Siebel Financial Services Insurance (version Siebel 15),
2) Oracle OBIEE 11 g,
3) OpenText Content Server,
4) Data Services,
5) FSCS Web Solutions.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
72230000, 72000000, 72232000, 72240000, 72250000, 72260000, 72300000,
72400000, 72500000, 72600000, 72700000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
timeframe for subsequent contracts:
in months: 12 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Further detail contained within ITT
documentation.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Further detail contained within ITT
documentation.
Minimum level(s) of standards possibly required: Further detail
contained within ITT documentation.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
Further detail contained within ITT documentation.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Further detail contained within ITT documentation.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
FSCS263
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Prior information notice
Notice number in the OJEU: [8]2015/S 246-447391 of 19.12.2015
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.2.2016
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - NL-Amsterdam
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Dokument Nr...: 3173-2016 (ID: 2016010609115640520)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
NL-Amsterdam: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
2016/S 3/2016 3173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gemeente Amsterdam
34366966
Bijlmerplein 395
Zu Händen von: Recruiter gemeente Amsterdam
1102 DK Amsterdam
NIEDERLANDE
Telefon: +31 202517002
E-Mail: [4]inhuur@amsterdam.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.amsterdam.nl/inhuur
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTE
RDAM
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72000000
Beschreibung
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Niedrigstes Angebot 0 und höchstes Angebot 115 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ensah Business Services
NL1734.11.472.B01
Ensahlaan 5
3723 HT Bilthoven
NIEDERLANDE
E-Mail: [8]eboertje@ensah.nl
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 0 und höchstes Angebot 115 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:inhuur@amsterdam.nl?subject=TED
5. http://www.amsterdam.nl/inhuur
6. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTERDAM
8. mailto:eboertje@ensah.nl?subject=TED
OT: 06/01/2016 S3 - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare
procedure
Nederland-Amsterdam: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling,
internet en ondersteuning
2016/S 003-003173
Aankondiging van een gegunde opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Gemeente Amsterdam
34366966
Bijlmerplein 395
Ter attentie van: Recruiter gemeente Amsterdam
1102 DK Amsterdam
NEDERLAND
Telefoon: +31 202517002
E-mail: [6]inhuur@amsterdam.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.amsterdam.nl/inhuur
Adres van het kopersprofiel:
[8]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/136037
Elektronische toegang tot informatie :
[9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152037&B=AMSTE
RDAM
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
128562 1018 Financiën Systeemarchitect e-facturatie.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 22: Diensten voor plaatsing van personeel en
personeelsverschaffing
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Amsterdam.
NUTS-code NL326
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Gemeente Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van
diverse expertise en capaciteit. Gemeente Amsterdam nodigt
geïnteresseerde Ondernemers voor de vakgebieden uit om zich te
registreren op het CTM platform en aan te melden voor het platform
Externe inhuur. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor 1 of meerdere
vakgebieden binnen. Zodra gemeente Amsterdam behoefte heeft aan externe
inhuur, wordt de offerteaanvraag in het platform Externe inhuur
uitgezet. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor de het platform
Externe inhuur conform de minimaal gestelde eisen. Aan de toelating kan
geen recht op opdrachten worden ontleend.
Het platform Externe inhuur voor externe inhuur heeft betrekking op
functies in de volgende vakgebieden (onder voorbehoud van
ontwikkelingen/uitbreidingen):
arbo,
(bouw) technisch,
communicatie,
facilitair,
financieel,
personeel en organisatie,
ICT,
inkoop,
interim management en advies,
juridisch.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
72000000
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Laagste offerte 0 en hoogste offerte 115 EUR
Zonder btw
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Gelet op de in het bestek, in de uitnodiging of onderhandeling
vermelde criteria. Weging 100
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
128562 - 1018
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: Financiën Systeemarchitect
e-facturatie
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
4.1.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Ensah Business Services
NL1734.11.472.B01
Ensahlaan 5
3723 HT Bilthoven
NEDERLAND
E-mail: [10]eboertje@ensah.nl
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Laagste offerte 0 en hoogste offerte 115 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Deze externe inhuur vraag betreft een digitale omgeving waarop de
gemeente Amsterdam de inhuur van extern personeel bekend maakt en
Ondernemers hun belangstelling hiervoor kunnen tonen. Een ondernemer
dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het CTM platform
via de link op [11]www.amsterdam.nl/inhuur U krijgt een e-mail zodra uw
bedrijfsregistratie is goedgekeurd. Om tot het platform Externe inhuur
te worden toegelaten, moeten Ondernemers zich aanmelden bij de externe
inhuur via de link op [12]www.amsterdam.nl/inhuur Dit kan door akkoord
te gaan met de genoemde voorwaarden. Alleen digitale Aanmeldingen,
ingediend via het CTM platform, worden door de Opdrachtgever in
behandeling genomen. Als u gekwalificeerd bent voor de externe inhuur
ontvangt u hiervan een e-mailbericht. Hierna krijgt u in de toekomst
automatisch een uitnodiging voor een offerte via e-mail. Inhoudelijke
en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de externe
inhuur te worden kenbaar gemaakt.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
1076 AV Amsterdam
Telefoon: +31 205412111
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
4.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens - UK-Ipswich
Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
Unterstützung von Krankenhäusern
Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen
Dokument Nr...: 31773-2016 (ID: 2016012909164070892)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
UK-Ipswich: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
2016/S 20/2016 31773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Suffolk County Council
Russell Road
Kontaktstelle(n): www.suffolksourcing.co.uk
IP1 2BX Ipswich
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1473260728
E-Mail: [4]dawn.richardson@suffolk.gov.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.suffolk.gov.uk
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.suffolksourcing.co.uk
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://www.suffolksourcing.co.uk
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://www.suffolksourcing.co.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
85000000, 85112000, 85300000
Beschreibung
Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens.
Unterstützung von Krankenhäusern.
Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
29.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:dawn.richardson@suffolk.gov.uk?subject=TED
5. http://www.suffolk.gov.uk/
6. https://www.suffolksourcing.co.uk/
7. https://www.suffolksourcing.co.uk/
8. https://www.suffolksourcing.co.uk/
OT: 29/01/2016 S20 - - Services - Contract notice - Open procedure
United Kingdom-Ipswich: Health and social work services
2016/S 020-031773
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Suffolk County Council
Russell Road
Contact point(s): www.suffolksourcing.co.uk
IP1 2BX Ipswich
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1473260728
E-mail: [6]dawn.richardson@suffolk.gov.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.suffolk.gov.uk
Address of the buyer profile: [8]https://www.suffolksourcing.co.uk
Electronic access to information: [9]https://www.suffolksourcing.co.uk
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[10]https://www.suffolksourcing.co.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Hospital Based Carer Support.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 25: Health and social services
NUTS code UKH14
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Invitation to tender for Hospital Based Carer Support to support people
(carers and the cared for), during admittance and throughout the
discharge process as they leave hospital.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
85000000, 85112000, 85300000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Lot 1 West Suffolk Hospital;
Lot 2 Ipswich Hospital;
Lot 3 James Paget Hospital.
Estimated value excluding VAT: 509 200 GBP
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Lot 1 West Suffolk Hospital
1)Short description
Hospital Based Carer Support based in West Suffolk Hospital.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
85000000, 85112000, 85300000
3)Quantity or scope
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
Lot No: 2 Lot title: Lot 2 Ipswich Hospital
1)Short description
Hospital Based Carer Support based in Ipswich Hospital.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
85000000, 85112000, 85300000
3)Quantity or scope
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
Lot No: 3 Lot title: Lot 3 James Paget Hospital
1)Short description
Hospital Based Carer Support based in James Paget Hospital.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
85000000, 85112000, 85300000
3)Quantity or scope
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
5)Additional information about lots
As detailed in the Invitation to Tender (ITT) documentation.
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
CD0737-2
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 29.2.2016
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Suffolk County
Council incorporates a minimum 10 calendar day standstill period from
the point at which information on the award of contract is communicated
to the tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek
further debriefing from the contracting authority before the contract
is entered into.
If an appeal regarding the award of contract has not been successfully
resolved: The Public Contracts Regulations 2015 as amended provide for
aggrieved parties who have been harmed or at risk of harm by a breach
of the rules, to take action in the High Court (England, Wales and
Northern Ireland). Any such action must be brought promptly..
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Umfragen - FR-Bourg-en-Bresse
Umfragen
Dokument Nr...: 31873-2016 (ID: 2016012909172970988)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
FR-Bourg-en-Bresse: Umfragen
2016/S 20/2016 31873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Département de l'Ain
Direction de l'environnement, 45 avenue Alsace Lorraine, CS 10114
Zu Händen von: M. le président
01003 Bourg-en-Bresse Cedex
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79311000
Beschreibung
Umfragen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SCOP GAY Environnement
14 boulevard Foch
38000 Grenoble
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 110 399 EUR
Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SARL Environnement KARST Services
Le Morgon
69640 Lacenas
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 41 630 EUR
References
OT: 29/01/2016 S20 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Bourg-en-Bresse: Services d'études
2016/S 020-031873
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Département de l'Ain
Direction de l'environnement, 45 avenue Alsace Lorraine, CS 10114
À l'attention de: M. le président
01003 Bourg-en-Bresse Cedex
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 10: Services d'études de marché et de sondages
Code NUTS FR711
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Suivi départemental des eaux superficielles et souterraines programme
2016 2 lots.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
79311000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15A044
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 093-167368 du 15.5.2015
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Suivi départemental des eaux superficielles.
Marché n°: F15043
V.1)Date d'attribution du marché:
9.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SCOP GAY Environnement
14 boulevard Foch
38000 Grenoble
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 110 399 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible
dêtre sous-traitée:
Valeur hors TVA 48 554 EUR
Lot nº: 2 - Intitulé: Suivi départemental des eaux souterraines. Marché
n°: F15044
V.1)Date d'attribution du marché:
11.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
SARL Environnement KARST Services
Le Morgon
69640 Lacenas
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 41 630 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
La consultation du (ou des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse
de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent
exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
Avis rectificatif publié au JOUE: annonce n° [7]2015/S 109-198144 du
9.6.2015. Références de publication rectificative paru au BOAMP.
Annonce n°: 15-84570 du 4.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE
et au BOAMP: 4.6.2015. Avis rectificatif publié au JOUE: annonce n°:
[8]2015/S 132-243150 du 11.7.2015. Références de publication
rectificative paru au BOAMP. Annonce n°: 15-102186 du 8.7.2015. Date
d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.7.2015. Lot n°: 2: sous
traitance pour un montant de 12 074 EUR HT.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-72775, mise en ligne le 12.5.2015.
Références de publication rectificative.
Annonce n° 15-102186, mise en ligne le 8.7.2015.
Références de publication rectificative.
Annonce n° 15-84570, mise en ligne le 4.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin Cedex 3
69433 Lyon
Téléphone: +33 478141062
Fax: +33 478141065
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin Cedex 3
69433 Lyon
Téléphone: +33 478141062
Fax: +33 478141065
VI.4)Date denvoi du présent avis:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Architekturentwurf - PL-Warschau
Architekturentwurf
Dokument Nr...: 31973-2016 (ID: 2016012909183571097)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
PL-Warschau: Architekturentwurf
2016/S 20/2016 31973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Zu Händen von: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 222449000
E-Mail: [4]przetargi@mzdw.pl
Fax: +48 222449013
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mzdw.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71220000
Beschreibung
Architekturentwurf.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 3 124 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Lider Konsorcjum: MP-Mosty Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 275 663,54 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 124 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:przetargi@mzdw.pl?subject=TED
5. http://www.mzdw.pl/
OT: 29/01/2016 S20 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Usugi projektowania architektonicznego
2016/S 020-031973
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Mazowiecki Zarzd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: [6]przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mzdw.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Agencja/urzd regionalny lub lokalny
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej a take uzyskanie w imieniu
Zamawiajcego: decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu
na realizacj inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
747 na odcinku od skrzyowania z drog krajow nr 9 w m. Ia do
skrzyowania z drog krajow nr 79 w m. Lipsko nr postpowania
128/15.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 12: Usugi architektoniczne, inynieryjne i
zintegrowane usugi inynieryjne; usugi urbanistyczne, architektury
krajobrazu, zwizane z nimi usugi konsultacji naukowych i
technicznych; usugi bada i analiz technicznych
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Województwo mazowieckie.
Kod NUTS PL12
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie dokumentacji projektowej a take uzyskanie w imieniu
Zamawiajcego decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu
na realizacj inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
747 na odcinku od skrzyowania z drog krajow nr 9 w m. Ia do
skrzyowania z drog krajow nr 79 w m. Lipsko.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
71220000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 3 124 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres rkojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
128/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 191-345966 z dnia 2.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Lider Konsorcjum: MP-Mosty Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 4 275 663,54 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 124 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Warto lub cz zamówienia, które prawdopodobnie bdzie zlecone
stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Urzdu Zamówie
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji o czynnoci
Zamawiajcego stanowicej
podstaw jego wniesienia jeeli zostay przesane w sposób okrelony w
art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
jeeli zostay przesane w inny sposób.
2. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
postpowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, take wobec postanowie
Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w ust. 1 i 2 wnosi
si w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej starannoci
mona byo powzi
wiadomo o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
4. Jeeli Zamawiajcy nie opublikowa ogoszenia o zamiarze zawarcia
umowy lub mimo
takiego obowizku nie przesa Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwoanie wnosi
si nie póniej ni:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzdowym Unii
Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesicy od dnia zawarcia umowy, jeeli Zamawiajcy nie
opublikowa w Dzienniku
Urzdowym Unii Europejskiej ogoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Departament Odwoa Urzdu Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung - DE-Eschborn
Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung
Dokument Nr...: 32073-2016 (ID: 2016012909192971194)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
DE-Eschborn: Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung
2016/S 20/2016 32073
Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse
Richtlinie 2004/18/EG
Dieser Wettbewerb fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Frankfurter Straße 29-35
Kontaktstelle(n): Ausschreibung Informationsveranstaltung 2016
65760 Eschborn
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6196/9082670
E-Mail: [6]awi@bafa.bund.de
Internet-Adresse(n):
[7]http://www.bafa.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.3)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen
1.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber /
anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber beschafft im Auftrag
anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Wettbewerbs/Projekts durch den öffentlichen
Auftraggeber / den Auftraggeber:
Informationsveranstaltungen im Rahmen des
BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU 2016.
II.1.2)Kurze Beschreibung:
In 2016 werden insgesamt 14 Informationsveranstaltungen durchgeführt.
Einzelheiten zu den ausgeschriebenen Projekten (Zielländer,
Themenschwerpunkte, Durchführungszeitraum etc.) sind den nachstehenden
Losen zu entnehmen. Die zeitlichen Vorgaben für den jeweiligen
Durchführungszeitraum berücksichtigen dabei mögliche Überschneidungen
mit anderen geplanten Veranstaltungen bzw. deren regionale und
technologische Ausrichtung. Um auch kleineren Unternehmen eine
Bewerbung auf diese Ausschreibung zu ermöglichen, werden alle Projekte
einzeln vergeben. Eine Bewerbung auf alle in der Anlage genannte
Informationsveranstaltungen ist möglich.
II.1.3)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
75131000
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verwaltungsangaben
IV.1.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
414 - II. 12.1
IV.1.2)Angaben zu früheren Bekanntmachungen
Frühere Bekanntmachung(en) desselben Wettbewerbs: nein
Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse
Nr: 1
Bezeichnung: Türkei, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 1.
Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
2
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
Nah- und Mittelostverein e. V.
Kronenstraße
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [8]numov@numov.de
Telefon: +49 3020641010
Internet-Adresse: [9]http://www.numov.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 2
Bezeichnung: Türkei, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 2.
Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
Spectaris e. V.
Werdischer Markt 15
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]info@spectaris.de
Telefon: +49 0304140210
Internet-Adresse: [11]http://www.spectaris.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 3
Bezeichnung: Indonesien, Gesundheitswirtschaft, 1. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
3
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
enviacon international
Martin-Buber-Str. 24
14163 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [12]info@enviacon.com
Telefon: +49 03081488410
Internet-Adresse: [13]http://www.enviacon.com
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 4
Bezeichnung: Indonesien, Kreativwirtschaft, 1. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
3
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
foreign markets consulting
Ritterstr. 50
10969 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [14]mertes@foreignmarkets.de
Telefon: +49 01732433475
Internet-Adresse: [15]http://www.foreignmarkets.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 5
Bezeichnung: Korea (Rep.), sonstige Konsumgüter. 1. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
1
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
SBS Systems for Business Solutions
Via Appia Nuova 666
00179 Roma
ITALIEN
E-Mail: [16]info@sbs-business.com
Internet-Adresse: [17]http://www.sbs-business.com
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 6
Bezeichnung: Philippinen, zivile Sicherheitstechnologie, 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
foreign markets consulting
Ritterstr. 50
10969 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [18]mertes@foreignmarkets.de
Telefon: +49 1732433475
Internet-Adresse: [19]http://www.foreignmarkets.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 7
Bezeichnung: Taiwan, Kreativwirtschaft, 1. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
1
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
DEInternational Limited
Keeling Road Sec1, N.333, 19F-9
11012 Taipei
TAIWAN
E-Mail: [20]jan.jovy@deinternational.com.tw
Internet-Adresse: [21]http://www.taiwan.ahk.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 8
Bezeichnung: Vietnam, Feinmechanik, Optik, Bio- und Labortechnik, 2.
Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
1
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
DIHK International Service Company limited (AHK Vietnam)
5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1
Ho Chi Minh City
VIETNAM
E-Mail: [22]info@vietnam.ahk.de
Internet-Adresse: [23]http://www.vietnam.ahk.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 9
Bezeichnung: VR China, Chemische Industrie, 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
1
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
German Industry an Commerce Greater China GmbH
Bismarckstr. 45
76133 Karlsruhe
DEUTSCHLAND
E-Mail: [24]dietlmeier.sabine@gic-deutschland.com
Internet-Adresse: [25]http://www.china.ahk.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 10
Bezeichnung: Kolumbien, Textilien / Bekleidungen, 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
4
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
1
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
enviacon international
Martin-Buber-Str. 24
14163 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [26]info@enviacon.com
Internet-Adresse: [27]http://www.enviacon.com
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 11
Bezeichnung: Ägypten, Maschinen- und Anlagenbau, 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
3
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
MENA-Projektpartner e. V.
Charlottenstr. 16
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [28]mziebell@mena-projektpartner.de
Internet-Adresse: [29]http://www.mena-projektpartner.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 12
Bezeichnung: Kenia, Umweltschutz, Entsorgung, Klimaschutz und Energie,
2. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
4
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
2
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
SBS Systems for Business Solutions
Via Appia Nuova 666
00179 Rom
ITALIEN
E-Mail: [30]info@sbs-business.com
Internet-Adresse: [31]http://www.sbs-business.com
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 13
Bezeichnung: Jordanien, Chemische Industrie, 2. Halbjahr 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
3
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
MENA-Projektpartner e. V.
Charlottenstr. 16
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [32]mziebell@mena-projektpartner.de
Internet-Adresse: [33]http://www.mena-projektpartner.de
V.1.4)Höhe der Preise
Nr: 14
Bezeichnung: VAE, zivile Sicherheitstechnologie, 2016
V.1)Zuschlag und Preise
V.1.1)Anzahl der Teilnehmer:
2
V.1.2)Anzahl der ausländischen Teilnehmer:
V.1.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
MENA-Projektpartner e. V.
Charlottenstr. 16
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [34]mziebell@mena-projektpartner.de
Internet-Adresse: [35]http://www.mena-projektpartner.de
V.1.4)Höhe der Preise
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Wettbewerb steht in Verbindung mit einem Vorhaben oder Programm,
das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
DEUTSCHLAND
E-Mail: [36]vk@bundeskartellamt.de
Telefon: +49 022894990
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.1.2016
References
6. mailto:awi@bafa.bund.de?subject=TED
7. http://www.bafa.de/
8. mailto:numov@numov.de?subject=TED
9. http://www.numov.de/
10. mailto:info@spectaris.de?subject=TED
11. http://www.spectaris.de/
12. mailto:info@enviacon.com?subject=TED
13. http://www.enviacon.com/
14. mailto:mertes@foreignmarkets.de?subject=TED
15. http://www.foreignmarkets.de/
16. mailto:info@sbs-business.com?subject=TED
17. http://www.sbs-business.com/
18. mailto:mertes@foreignmarkets.de?subject=TED
19. http://www.foreignmarkets.de/
20. mailto:jan.jovy@deinternational.com.tw?subject=TED
21. http://www.taiwan.ahk.de/
22. mailto:info@vietnam.ahk.de?subject=TED
23. http://www.vietnam.ahk.de/
24. mailto:dietlmeier.sabine@gic-deutschland.com?subject=TED
25. http://www.china.ahk.de/
26. mailto:info@enviacon.com?subject=TED
27. http://www.enviacon.com/
28. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
29. http://www.mena-projektpartner.de/
30. mailto:info@sbs-business.com?subject=TED
31. http://www.sbs-business.com/
32. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
33. http://www.mena-projektpartner.de/
34. mailto:mziebell@mena-projektpartner.de?subject=TED
35. http://www.mena-projektpartner.de/
36. mailto:vk@bundeskartellamt.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Eisenbahnmaterial - IT-Rom
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 32173-2016 (ID: 2016012909202271279)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
IT-Rom: Eisenbahnmaterial
2016/S 20/2016 32173
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «RFI SpA»
Via dello Scalo Prenestino 25
Zu Händen von: Ronga Maria Luisa
00159 Roma
ITALIEN
Telefon: +39 0647308869
E-Mail: [4]m.ronga@rfi.it
Fax: +39 0647308843
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.gare.rfi.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34940000
Beschreibung
Eisenbahnmaterial.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 3 567 150 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 1
Los-Nr: 1
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stamperia Carcano Giuseppe SpA
Via per Alzate 31
22032 Albese con Cassano
ITALIEN
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 500 000 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 567 150 EUR
ohne MwSt
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:m.ronga@rfi.it?subject=TED
5. http://www.gare.rfi.it/
OT: 29/01/2016 S20 - - Forniture - Avviso di aggiudicazione -
Procedura negoziata
Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie
2016/S 020-032173
Avviso di aggiudicazione di appalti Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «RFI SpA»
Via dello Scalo Prenestino 25
All'attenzione di: Ronga Maria Luisa
00159 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0647308869
Posta elettronica: [6]m.ronga@rfi.it
Fax: +39 0647308843
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: [7]www.gare.rfi.it
I.2)Principali settori di attività
Servizi ferroviari
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
GPN DGQ1 7393 Dispositivi di tensionatura a 4 e 5 pulegge.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Franco stabilimento del fornitore.
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Dispositivi di tensionatura a 4 e 5 pulegge.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34940000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 3 567 150 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
aggiudicatore:
GPN DGQ1 7393
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2014/S 015-023469 del 22.1.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Dispositivi di tensionatura a 4 e 5
pulegge CIG: 5510461046
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
4.5.2015
V.1.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Stamperia Carcano Giuseppe SpA
Via per Alzate 31
22032 Albese con Cassano
ITALIA
V.1.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
Valore: 1 500 000 EUR
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 3 567 150 EUR
IVA esclusa
V.1.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
26.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Versicherungen - FR-Paris
Versicherungen
Kraftfahrzeugversicherungen
Schaden- oder Verlustversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Dokument Nr...: 32273-2016 (ID: 2016012909215471374)
Veröffentlicht: 29.01.2016
*
FR-Paris: Versicherungen
2016/S 20/2016 32273
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Centrale d'achat du transport public
8 villa de Lourcine
Zu Händen von: Morgane Delaquaize
75014 Paris
FRANKREICH
Telefon: +33 184830473
E-Mail: [4]morgane.delaquaize@catp.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://catp.e-marchespublics.com
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://catp.e-marchespublics.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66510000, 66514110, 66515000, 66516000, 66513100
Beschreibung
Versicherungen.
Kraftfahrzeugversicherungen.
Schaden- oder Verlustversicherungen.
Haftpflichtversicherungen.
Rechtsschutzversicherungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 1
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 10
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Diot Méditerranée avec la compagnie Axa
141 avenue du Prado, bâtiment A
13008 Marseille
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 11
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Groupe Satec avec la compagnie Axa
24 rue Cambacérès
75008 Paris
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 12
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 13
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 14
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Jean Mennetrier agent général avec la compagnie Axa
33 boulevard d'Alsace, BP 1114
26011 Valence Cedex
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 15
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 16
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 2
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 3
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 4
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 5
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Groupe Satec avec la compagnie Axa
24 rue Cambacérès
75008 Paris
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 6
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Gras Savoye avec la compagnie Albingia
Ets de Marseille, 480 avenue du Prado
13295 Marseille Cedex 08
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 7
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 8
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 9
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Déclaré sans suite
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:morgane.delaquaize@catp.fr?subject=TED
5. http://catp.e-marchespublics.com/
6. http://catp.e-marchespublics.com/
OT: 29/01/2016 S20 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure négociée
France-Paris: Services d'assurance
2016/S 020-032273
Avis d'attribution de marché secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Centrale d'achat du transport public
8 villa de Lourcine
À l'attention de: Morgane Delaquaize
75014 Paris
FRANCE
Téléphone: +33 184830473
E-mail: [6]morgane.delaquaize@catp.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale de lentité adjudicatrice:
[7]http://catp.e-marchespublics.com
Adresse du profil dacheteur: [8]http://catp.e-marchespublics.com
I.2)Activité principale
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Marché de prestations de services d'assurances.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6a:
Code NUTS FR
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Prestation de services d'assurances.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66510000, 66514110, 66515000, 66516000, 66513100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
2015-23
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 118-216068 du 20.6.2015
Section V: Attribution du marché
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Lot 1: assurance flotte automobile et risques
annexes pour Illevia
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 10 - Intitulé: Lot 10: assurance flotte automobile et risques
annexes pour la régie Palmbus de la Communauté d'agglomération des pays
de Lérins
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Diot Méditerranée avec la compagnie Axa
141 avenue du Prado, bâtiment A
13008 Marseille
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 11 - Intitulé: Lot 11: assurance flotte automobile et risques
annexes pour Libellus / réseau de la communauté d'agglomération de
Castres-Mazamet
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Groupe Satec avec la compagnie Axa
24 rue Cambacérès
75008 Paris
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 12 - Intitulé: Lot 12: assurance flotte automobile et risques
annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 13 - Intitulé: Lot 13: assurance dommages aux biens et risques
annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 14 - Intitulé: Lot 14: assurance responsabilité civile et
risques annexes pour la régie départementale des autobus de la Drôme
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Jean Mennetrier agent général avec la compagnie Axa
33 boulevard d'Alsace, BP 1114
26011 Valence Cedex
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 15 - Intitulé: Lot 15: assurance responsabilité des mandataires
sociaux pour la régie départementale des autobus de la Drôme
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 16 - Intitulé: Lot 16: assurance protection juridique pour la
régie départementale des autobus de la Drôme
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 2 - Intitulé: Lot 2: assurance responsabilité civile et risques
annexes pour Illevia
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 3 - Intitulé: Lot 3: assurance responsabilité des mandataires
sociaux pour Illevia
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 4 - Intitulé: Lot 4: assurance protection juridique pour
Illevia
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 5 - Intitulé: Lot 5: assurance flotte automobile et risques
annexes pour la rdt 66
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Groupe Satec avec la compagnie Axa
24 rue Cambacérès
75008 Paris
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 6 - Intitulé: Lot 6: assurance dommages aux biens et risques
annexes pour la rdt 66
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Gras Savoye avec la compagnie Albingia
Ets de Marseille, 480 avenue du Prado
13295 Marseille Cedex 08
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 7 - Intitulé: Lot 7: assurance responsabilité civile et risques
annexes pour la rdt 66
V.1.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
79031 Niort
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 8 - Intitulé: Lot 8: assurance responsabilité des mandataires
sociaux pour la rdt 66
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 9 - Intitulé: Lot 9: assurance protection juridique pour la rdt
66
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Déclaré sans suite
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n°
15-93450, mise en ligne le 18.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [10]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
E-mail: [11]greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.4)Date denvoi du présent avis:
25.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
EIB - Bau des 20-MW-Wasserkraftwerks Vranduk - BA-Sarajewo
Bauarbeiten für Dämme und ähnliche feste Konstruktionen
Bauarbeiten für Kraftwerke
Straßenbauarbeiten
Bauleistungen im Hochbau
Dokument Nr...: 32373-2016 (ID: 2016013009005971520)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
BA-Sarajewo: EIB - Bau des 20-MW-Wasserkraftwerks Vranduk
2016/S 21/2016 32373
Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of HPP Vranduk 20
MW- Contract award - Open procedure with prequalification
Contract award notice
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s):
Javno preduzee Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
Vilsonovo etalite 15, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Contact: Mr. Edib Bai, Project Implementation Unit, Tel. +387 33 751
030, Fax +387 33 751 033, e-mail: e.basic@elektroprivreda.ba
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[1]http://www.elektroprivreda.ba
I.2)Type of the contracting authority and main activity or activities:
Public utility company for generation, distribution and supply of
electricity.
I.3)The contracting authority is purchasing on behalf of other
contracting authorities:
No
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
S&I/1-3/14-EBRD
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance:
Plant and Design-Build Yellow FIDIC
Service category:
Main place of performance: Bosnia and Herzegovina
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Subject of the Procurement is construction of HPP Vranduk on river
Bosna and it includes the design, manufacturing, supply and
installation of equipment, testing and commissioning. It has been
designed with an operating capacity of about 20 MW of installed power,
produced by three Kaplan turbine generator units. HPP Vranduk consists
of the following main components:
- A new dam with a small generating unit, a fish ladder and a gate
storage chamber;
- An intake structure upstream on the left river bank;
- A power tunnel on the left side of the river upstream from the dam
site between the intake structure and the powerhouse;
- A surge shaft;
- A powerhouse, control building, assembly plateau and switchgear
building downstream at the end of the power tunnel;
- Water storage reservoir, 6 km long;
- New access roads and reconstructed existing roads
- A tailrace between the powerhouse and the downstream riverbed;
- Deepening of the downstream riverbed between the Bosna IV bridge and
the village of Nemila (approximately 2.5 km);
- Temporary cofferdams for the construction of the dam (in two phases)
and of the powerhouse, as well as for allowing the connection of the
intake structure to the power tunnel.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV):
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure:
Open International Competitive Bidding (ICB) with prequalification
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria:
The most economically advantageous tender in terms of:
Performance and productivity of the equipment offered ussing following
formulas:
1) WTE = The Weighted Efficiency of the hydraulic Turbine, [%]
2) WGE = The Weighted Efficiency of the Generator, [%]
3) RTE = The Transformer Efficiency at rated load, [%].
The reference value for efficiencies comparison is the arithmetic
average of the values given in all tenders (WTEAVE WGEAVE, RTEAVE ).
For instance, if the tenders number is n:
WTEAVE = (WTE1 + WTE2 + + WTEn ) / n [%]
WGEAVE = (WGE1 + WGE2 + + WGEn ) / n [%]
RTEAVE = (RTE1 + RTE2 + + RTEn ) / n [%]
The adjustment cost (AC ) for the increase (decrease) of the tender
Price is calculated as follows:
AC = TU + GEN + TRA
The total Evaluated Tender Price shall include the following items:
TU = (WTEAVE - WTE) [%] * 5/1.5 * TTP [M Euro], where TTP = Total
Price of Turbine, Inlet Valve and Governors supply, in M Euro
GEN = (WGEAVE - WGE) [%] * 5 * TGP [M Euro], where TGP = Total Price
of Generator Supply, in M Euro
TRA = (RPT [kVA] * (RTEAVG - RTE) [%] * 5000 [Euro/kVA]) / 106 =
(RTEAVG - RTE) [%] * 62.5 [M Euro], where RPT = Rated Power Transformer
in kVA = 12500 kVA
IV.2.2)Information about electronic auction:
An electronic auction has been used: No
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract:
Yes.
Invitation for prequalification: [2]2014/S 060-100195
([3]http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195- 2014:TEXT:EN:HTML )
of 26/03/2014
Section V: Award of contract
V.1)Award and contract value:
Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
S&I/1-3/14-EBRD
V.1.1)Date of contract award decision:
24.11.2015.
V.1.2)Number of offers received:
5
V.1.3)Contractor:
JV STRABAG AG, Austria / Konar inenjering za energetiku i transport,
Croatia; Lead Partner Strabag AG, Austria
V.1.4)Value of the contract:
57.402.785,77 (Excluding VAT)
Currency: EUR
Section VI: Complementary information
VI.1)Contract related to a project and/or programme financed by EU
funds:
No
VI.4)Date of dispatch of this notice:
25.01.2016.
References
1. http://www.elektroprivreda.ba/
2. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195-2014:TEXT:DE:HTML
3. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195
OT: 30/01/2016 S21 European Investment Bank - Works - Contract award
notice - Open procedure
Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of Vranduk
hydropower plant 20 MW
2016/S 021-032373
Bosnia and Herzegovina-Sarajevo: EIB - Construction of HPP Vranduk 20
MW- Contract award - Open procedure with prequalification
Contract award notice
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s):
Javno preduzee Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
Vilsonovo etalite 15, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Contact: Mr. Edib Bai, Project Implementation Unit, Tel. +387 33 751
030, Fax +387 33 751 033, e-mail: e.basic@elektroprivreda.ba
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[1]http://www.elektroprivreda.ba
I.2)Type of the contracting authority and main activity or activities:
Public utility company for generation, distribution and supply of
electricity.
I.3)The contracting authority is purchasing on behalf of other
contracting authorities:
No
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
S&I/1-3/14-EBRD
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance:
Plant and Design-Build Yellow FIDIC
Service category:
Main place of performance: Bosnia and Herzegovina
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Subject of the Procurement is construction of HPP Vranduk on river
Bosna and it includes the design, manufacturing, supply and
installation of equipment, testing and commissioning. It has been
designed with an operating capacity of about 20 MW of installed power,
produced by three Kaplan turbine generator units. HPP Vranduk consists
of the following main components:
- A new dam with a small generating unit, a fish ladder and a gate
storage chamber;
- An intake structure upstream on the left river bank;
- A power tunnel on the left side of the river upstream from the dam
site between the intake structure and the powerhouse;
- A surge shaft;
- A powerhouse, control building, assembly plateau and switchgear
building downstream at the end of the power tunnel;
- Water storage reservoir, 6 km long;
- New access roads and reconstructed existing roads
- A tailrace between the powerhouse and the downstream riverbed;
- Deepening of the downstream riverbed between the Bosna IV bridge and
the village of Nemila (approximately 2.5 km);
- Temporary cofferdams for the construction of the dam (in two phases)
and of the powerhouse, as well as for allowing the connection of the
intake structure to the power tunnel.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV):
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure:
Open International Competitive Bidding (ICB) with prequalification
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria:
The most economically advantageous tender in terms of:
Performance and productivity of the equipment offered ussing following
formulas:
1) WTE = The Weighted Efficiency of the hydraulic Turbine, [%]
2) WGE = The Weighted Efficiency of the Generator, [%]
3) RTE = The Transformer Efficiency at rated load, [%].
The reference value for efficiencies comparison is the arithmetic
average of the values given in all tenders (WTEAVE WGEAVE, RTEAVE ).
For instance, if the tenders number is n:
WTEAVE = (WTE1 + WTE2 + + WTEn ) / n [%]
WGEAVE = (WGE1 + WGE2 + + WGEn ) / n [%]
RTEAVE = (RTE1 + RTE2 + + RTEn ) / n [%]
The adjustment cost (AC ) for the increase (decrease) of the tender
Price is calculated as follows:
AC = TU + GEN + TRA
The total Evaluated Tender Price shall include the following items:
TU = (WTEAVE - WTE) [%] * 5/1.5 * TTP [M Euro], where TTP = Total
Price of Turbine, Inlet Valve and Governors supply, in M Euro
GEN = (WGEAVE - WGE) [%] * 5 * TGP [M Euro], where TGP = Total Price
of Generator Supply, in M Euro
TRA = (RPT [kVA] * (RTEAVG - RTE) [%] * 5000 [Euro/kVA]) / 106 =
(RTEAVG - RTE) [%] * 62.5 [M Euro], where RPT = Rated Power Transformer
in kVA = 12500 kVA
IV.2.2)Information about electronic auction:
An electronic auction has been used: No
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract:
Yes.
Invitation for prequalification: [2]2014/S 060-100195
([3]http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100195- 2014:TEXT:EN:HTML )
of 26/03/2014
Section V: Award of contract
V.1)Award and contract value:
Construction of HPP Vranduk 20 MW; No. EPBiH-HPP Vranduk-
S&I/1-3/14-EBRD
V.1.1)Date of contract award decision:
24.11.2015.
V.1.2)Number of offers received:
5
V.1.3)Contractor:
JV STRABAG AG, Austria / Konar inenjering za energetiku i transport,
Croatia; Lead Partner Strabag AG, Austria
V.1.4)Value of the contract:
57.402.785,77 (Excluding VAT)
Currency: EUR
Section VI: Complementary information
VI.1)Contract related to a project and/or programme financed by EU
funds:
No
VI.4)Date of dispatch of this notice:
25.01.2016.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gerüste - AT-St. Pölten
Gerüste
Gerüstarbeiten
Abbau von Gerüsten
Gerüstkonstruktionen
Errichtung von Gerüsten
Dokument Nr...: 32473-2016 (ID: 2016013009015671624)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
AT-St. Pölten: Gerüste
2016/S 21/2016 32473
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Amt der NÖ Landesregierung / Abt. Gebäudeverwaltung (LAD3)
Landhausplatz 1
Kontaktstelle(n): HYPO NOE Real Consult GmbH
Zu Händen von: Frau Ulrike Kern
3109 St. Pölten
ÖSTERREICH
Telefon: +43 590910-3336
E-Mail: [5]galerienoe@hyponoe.at
Fax: +43 590910-3117
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Galerie NÖ_Gerüstbau (Fassadengerüst)_Vorinformation.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz.
AT124
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Fassadengerüste.
Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44212310, 45262100, 45262110, 44212317, 45262120
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.4.2016
Laufzeit in Monaten: 3 (ab Auftragsvergabe)
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.8)Zusätzliche Angaben:
Nationale Erkennungsnummer: [L-587993-6128].
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Lt. Ausschreibungsunterlagen.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.1.2016
References
5. mailto:galerienoe@hyponoe.at?subject=TED
OT: 30/01/2016 S21 - - Bauleistung - Vorabinformation ohne Aufruf zum
Wettbewerb - Entfällt
Österreich-St. Pölten: Gerüste
2016/S 021-032473
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Amt der NÖ Landesregierung / Abt. Gebäudeverwaltung (LAD3)
Landhausplatz 1
Kontaktstelle(n): HYPO NOE Real Consult GmbH
Zu Händen von: Frau Ulrike Kern
3109 St. Pölten
ÖSTERREICH
Telefon: +43 590910-3336
E-Mail: [5]galerienoe@hyponoe.at
Fax: +43 590910-3117
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Galerie NÖ_Gerüstbau (Fassadengerüst)_Vorinformation.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort: 3500 Krems, Franz-Zeller-Platz.
AT124
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Fassadengerüste.
Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44212310, 45262100, 45262110, 44212317, 45262120
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: 1.4.2016
Laufzeit in Monaten: 3 (ab Auftragsvergabe)
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.8)Zusätzliche Angaben:
Nationale Erkennungsnummer: [L-587993-6128].
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Lt. Ausschreibungsunterlagen.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßenausbesserungsarbeiten - NL-Hoorn
Straßenausbesserungsarbeiten
Dokument Nr...: 32573-2016 (ID: 2016013009030171735)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
NL-Hoorn: Straßenausbesserungsarbeiten
2016/S 21/2016 32573
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gemeente Hoorn
341772977
Nieuwe Steen 1
Zu Händen von: K. van Leenen
1625 HV Hoorn
NIEDERLANDE
Telefon: +31 229252200
E-Mail: [4]gemeente@hoorn.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.hoorn.nl
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73704
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73704
Weitere Auskünfte erteilen: Via TenderNed
NIEDERLANDE
Internet-Adresse: [8]http://www.tenderned.nl
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Verkrijgbaar via TenderNed
NIEDERLANDE
Internet-Adresse: [9]http://www.tenderned.nl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Via TenderNed
NIEDERLANDE
Internet-Adresse: [10]http://www.tenderned.nl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45233142
Beschreibung
Straßenausbesserungsarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 21.3.2016 - 13:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
21.3.2016 - 13:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Niederländisch.
References
4. mailto:gemeente@hoorn.nl?subject=TED
5. http://www.hoorn.nl/
6. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73704
7. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=73704
8. http://www.tenderned.nl/
9. http://www.tenderned.nl/
10. http://www.tenderned.nl/
OT: 30/01/2016 S21 - - Werken - Aankondiging van een opdracht -
Openbare procedure
Nederland-Hoorn: Herstellen van wegen
2016/S 021-032573
Aankondiging van een opdracht
Werken
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Gemeente Hoorn
341772977
Nieuwe Steen 1
Ter attentie van: K. van Leenen
1625 HV Hoorn
NEDERLAND
Telefoon: +31 229252200
E-mail: [6]gemeente@hoorn.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.hoorn.nl
Elektronische toegang tot informatie :
[8]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73704
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
[9]https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samen
vatting.xhtml?aankondigingId=73704
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Via
TenderNed
NEDERLAND
Internetadres: [10]http://www.tenderned.nl
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op: Verkrijgbaar via TenderNed
NEDERLAND
Internetadres: [11]http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Via TenderNed
NEDERLAND
Internetadres: [12]http://www.tenderned.nl
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Wegonderhoud en reconstructies 2016-2020 (RAW-raamovereenkomst).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Gemeente Hoorn.
NUTS-code NL,NL321
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De werkzaamheden betreffen het onderhoud van de asfalt- en
betonverharding en reconstructies in de gemeente Hoorn vanaf juni 2016
tot mei 2020.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
45233142
II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
frezen en opbreken asfalt;
frezen en opbreken fundering;
vullen van asfalt scheuren;
opbreken elementenverhardingen;
ontgraven grond en zand;
verwerken grond en zand;
grond en zand vervoeren;
asfalt aanbrengen;
aanbrengen menggranulaat;
aanbrengen zand;
aanbrengen elementenverhardingen;
herstraten elementenverharding;
kolken opbreken;
kolken aanbrengen;
kolken herstellen
kolkleidingen verwijderen en aanbrengen;
lichtmasten verwijderen;
lichtmasten aanbrengen;
detectielussen aanbrengen;
aanbrengen belijning;
aanbrengen markering;
aanbrengen slijtlagen;
aanbrengen betonnen fietspaden;
uitvoeren milieuhygiënische onderzoeken;
uitvoering bijkomende werkzaamheden.
De te verwachte jaarlijkse som van de deelopdrachten is ca. 2 500 000-3
000 000 EUR.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 1.6.2016. Voltooiing 31.5.2020
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
inlichtingen
III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Eis: Social return.
Beschrijving: De inschrijver besteedt 5 % van de aanneemsom aan 1 van
de soorten uitkeringsgerechtigden.
Toelichting op bewijsstuk: Gebruik voor het opgeven van de Social
return waardebepaling het social return formulier. Het gaat dan
specifiek om de nieuwe invulling van de te gunnen opdracht. Het is niet
toegestaan wijzigingen aan te brengen in het formulier.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eis: Uniforme eigen verklaring.
Beschrijving: U bent verplicht de eigen verklaring in te vullen.
Toelichting op bewijsstuk: In de eigen verklaring vult u de algemene
gegevens in en conformeert u zich aan: de verplichte
uitsluitingsgronden, de facultatieve uitsluitingsgronden, de
geschiktheidseisen en de ondertekening.
Eis: Beperking korting in inschrijvingsstaat.
Beschrijving: In de staartposten mogen geen negatieve bedragen
voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 918870 'Korting',
waarbij het negatieve bedrag maximaal 1 000 EUR mag zijn. Is hieraan
niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig.
Toelichting op bewijsstuk: Verwezen wordt naar artikelen 01.01.03,
01.01.04, 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard 2015. De
inschrijvingsstaat digitaal aanleveren via TenderNed.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Eis: Uitsluitingsgronden (genoemd in de eigen verklaring).
Beschrijving: U verklaart door het invullen en ondertekenen van de
eigen verklaring dat de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing
zijn.
Toelichting op bewijsstuk: Ingevulde en ondertekende eigen verklaring
(bijgevoegd als bijlage bij deze aanbesteding).
Onderstaande bewijsstukken indienen via TenderNed en alleen nadat de
gemeente hierom vraagt (binnen 7 dagen na ons verzoek).
Uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.
Verklaring Belastingdienst niet ouder dan 6 maanden.
Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder dan 2 jaar. Voor meer
informatie over de gedragsverklaring aanbesteden (GVA), zie de website
van de dienst Justis, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:
[13]http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaringaanbesteden
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Eis: Minimale jaaromzet.
Wetsverwijzing: Verklaring betreffende omzet.
Bewijsstuk: Verklaring omzet.
Toelichting op bewijsstuk: Een verklaring betreffende de totale omzet
over ten hoogste de laatste 3 boekjaren. Dit afhankelijk van de
oprichtingsdatum of de datum waarop u met uw bedrijf bedrijvigheid bent
begonnen. En voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen: Beschrijving: U verklaart door het invullen en
ondertekenen van de eigen verklaring dat u over de afgelopen 3
boekjaren een gemiddelde jaaromzet heeft gehad van tenminste 5 000 000
EUR. Dit afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum waarop u met
uw bedrijf bedrijvigheid bent begonnen. En voor zover de betrokken
omzetcijfers beschikbaar zijn. Motivatie voor het opvragen van
omzetcijfers is, dat de inschrijver zijn bedrijfsvoering voldoende
heeft ingericht om de verschillende deelopdrachten (kleine en grotere
projecten) gelijktijdig uit te kunnen voeren.
Wetsverwijzing: Verklaring betreffende omzet.
Bewijsstuk: Verklaring omzet.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
Eis: VGM-beheerssysteemcertificaat VCA*.
Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
Toelichting op bewijsstuk: Een VCA*-certificaat van de inschrijver of
een daarmee gelijk te stellen certificaat op het gebied van
veiligheidsmanagement voor aannemers.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eis: Ervaringseis asfaltwerk.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar.
Bewijsstuk: Referenties.
Toelichting op bewijsstuk: De aannemer dient dit aan te tonen middels
een tevredenheidsverklaring ondertekend door de opdrachtgever, waarbij
is vermeld dat het werk naar behoren is uitgevoerd en waarin het bedrag
van de opdracht, de plaats en het tijdstip waarop het is uitgevoerd
vermeld wordt, en waarin is aangegeven of de opdracht volgens de regels
der kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde is gebracht en die in
voorkomend geval door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de
aanbesteder wordt toegezonden.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 5 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eis: ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat.
Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
Toelichting op bewijsstuk: Dit certificaat moet zijn afgegeven door een
certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van gegadigden de combinatie respectievelijk
dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat. Indien afzonderlijke certificaten van de
deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten
gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eis: Milieu ISO 14001 kwaliteitsmanagementcertificaat.
Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
Toelichting op bewijsstuk: Een kopie van het ISO 14001
kwaliteitssysteemcertificaat.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eis: BRL 7001 uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele
methoden.
Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
Toelichting op bewijsstuk: Een kopie van het BRL 7001 certificaat op
het gebied van saneren landbodem met conventionele methoden.
Dit bewijsstuk dient pas te worden opgestuurd indien de aanbesteder
hierna na aanbesteding om vraagt. Indien de aanbesteder hierom vraagt,
dan dient de inschrijver deze stukken binnen 2 werkdagen aan de
aanbesteder te overleggen.
Eventuele minimumeisen:
Beschrijving: Het door de inschrijver gehanteerde VGM-beheerssysteem en
de toepassing daarvan voldoen aan de vigerende VGM Checklist Aannemers.
Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
Beschrijving: De aannemer dient een referentieproject te kunnen
overleggen van 1 project op het gebied van asfaltwerken met een
aanneemsom van tenminste 500 000 EUR exclusief btw te hebben uitgevoerd
over de afgelopen 5 jaar.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar.
Bewijsstuk: Referenties.
Beschrijving: De inschrijver moet in het bezit zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001
'Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen', dat betrekking heeft op de aard
van het werk.
Wetsverwijzing: Technici of technische organen belast met
kwaliteitscontrole.
Bewijsstuk: Technici of organen kwaliteitscontrole.
Beschrijving: De inschrijver moet in het bezit te zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 14001 Model voor
milieumanagementsysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling,
die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van
inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers
in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.
Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
Beschrijving: De inschrijver dient te beschikken over een vigerend
certificaat volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 7001.
Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer.
Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
personeel
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
H-231 (zaaknummer 1259854)
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang
tot documenten: 21.3.2016 - 13:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen
21.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
gestand moet doen
dagen: 75 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21.3.2016 - 13:00
Plaats:
Stadhuis gemeente Hoorn. Alleen inschrijvingen die via TenderNed worden
ingediend, worden meegenomen in de aanbesteding.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Mededelingen uitwisseling van informatie met betrekking tot dit werk
worden gedaan door middel van de aanbestedingswebsite
[14]www.tenderned.nl (hierna te noemen TenderNed). Vragen per fax,
post, e-mail, mondelinge of telefonische vragen worden niet beantwoord.
De vragen kunnen tot en met uiterlijk maandag, 22.2.2016 uitsluitend
worden gesteld via TenderNed.
De nota van inlichtingen is uiterlijk dinsdag, 8.3.2016 te downloaden
van TenderNed.
Een aanwijzing ter plaatse wordt niet gehouden. Het werk ligt in
openbaar gebied en is vrij toegankelijk.
Vergoeding van de inschrijvingskosten:
Een vergoeding van de inschrijvingskosten is van toepassing voor
maximaal 3 inschrijvers, deze is vast en bedraagt 2 000 EUR exclusief
de omzetbelasting. De 3 geldige inschrijvingen welke als tweede, derde
en vierde inschrijver op laagste prijs hebben ingeschreven komen in
aanmerking voor deze vergoeding. De vergoeding is niet van toepassing
voor de inschrijver aan wie het werk is opgedragen.
Binnen 4 weken nadat het werk is opgedragen, stelt de aanbesteder vast
welke inschrijvers voor een vergoeding in aanmerking komen en doet hij
deze hiervan gelijktijdig mededeling per e-mail. Alleen de aannemers
die in aanmerking komen voor een vergoeding ontvangen een e-mail van de
aanbesteder. In de e-mail verzoekt de aanbesteder de aannemer om een
factuur in te dienen van 2 000 EUR exclusief de omzetbelasting, onder
vermelding van het desbetreffende codenummer(s).
Betaling van de vergoeding aan de desbetreffende inschrijvers vindt
plaats binnen 10 weken nadat het werk is opgedragen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81
2011 RW Haarlem
NEDERLAND
Telefoon: +31 238884444
Internetadres:
[15]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
es/default.aspx
Fax: +31 238884888
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81
2011 RW Haarlem
NEDERLAND
Telefoon: +31 238884444
Internetadres:
[16]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
es/default.aspx
Fax: +31 238884888
VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een
beroep: 1. De aanbesteder is niet verplicht de opdracht te verlenen.
Alan een dergelijk besluit, alsmede aan een verzoek tot aanvulling van
de inschrijving of aan andere mededelingen of gedragingen van de
aanbesteder voorafgaand aan het gunningsbesluit of aan het besluit om
de opdracht niet te verlenen, kunnen door inschrijvers geen aanspraken
op de opdracht of op vergoeding van inschrijvingskosten, verlies aan
referentie, gederfde winst of andere schade jegens de aanbesteder
worden ontleend. De inschrijvers hebben geen aanspraak jegens de
aanbesteder op vergoeding van hun kosten van deelneming aan de
aanbestedingsprocedure.
De aanbesteder behoudt zich te allen tijde het recht voor de
aanbestedingsprocedure stop te zetten zonder opgaaf van reden.
2. De aanbesteder doet schriftelijk mededeling van zijn voorlopige
gunningsbeslissing aan alle geldige en geschikte inschrijvers.
3. De aanbesteder neemt een termijn van 20 kalenderdagen in acht
voordat hij de met de voorlopige gunningsbeslissing beoogde
overeenkomst sluit. De termijn vangt aan op de dag na de datum waarop
de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing is verzonden aan de
betrokken inschrijvers.
4. Inschrijvers die het niet eens zijn met de voorlopige
gunningsbeslissing dienen binnen de in lid 3 genoemde termijn een kort
geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland te Haarlem, op straffe van verval van dit recht.
Wanneer dit het geval is dient de aanbesteder hiervan op de hoogte te
worden gesteld via een e-mail aan het volgende e-mail adres:
[17]gemeente@hoorn.nl
5. Indien gedurende de in lid 3 bedoelde termijn een onmiddellijke
voorziening bij voorraad wordt verzocht met betrekking tot de
voorlopige gunningsbeslissing, sluit de aanbesteder de met die
beslissing beoogde overeenkomst niet eerder dan nadat de
Voorzieningenrechter een beslissing heeft genomen over het verzoek tot
voorlopige maatregelen en de termijn, bedoeld in lid 3, is verstreken.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
Rechtbank Noord-Holland
Jansstraat 81
2011 RW Haarlem
NEDERLAND
Telefoon: +31 238884444
Internetadres:
[18]http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pag
es/default.aspx
Fax: +31 238884888
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kombiwagen - CZ-Prag
Kombiwagen
Spezialfahrzeuge
Nutzfahrzeuge
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
Dokument Nr...: 32673-2016 (ID: 2016013009035571829)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
CZ-Prag: Kombiwagen
2016/S 21/2016 32673
Hlavní msto Praha, 00064581, Mariánské námstí 2/2, Korunní 98, Praha
10, Praha 110 00, TSCHECHISCHE REPUBLIK. E-Mail: zakazky@mppraha.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 17.12.2015, [1]2015/S
244-443259)
Betr.:
CPV:34111100, 34114000, 34144700, 34120000
Kombiwagen
Spezialfahrzeuge
Nutzfahrzeuge
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen
Anstatt:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
3.2.2016 (9:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
3.2.2016 (9:00)
muss es heißen:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
11.3.2016 (9:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
11.3.2016 (9:00)
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443259-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 30/01/2016 S21 - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
ízení
eská republika-Praha: Kombi
2016/S 021-032673
Hlavní msto Praha, 00064581, Mariánské námstí 2/2, Korunní 98, Praha
10, Praha 110 00, ESKÁ REPUBLIKA. E-mail: zakazky@mppraha.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 17.12.2015, [1]2015/S
244-443259)
Pedmt:
CPV:34111100, 34114000, 34144700, 34120000
Kombi
Specializovaná vozidla
Uitková vozidla
Motorová vozidla pro pepravu více ne 10 lidí
Namísto:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
3.2.2016 (9:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
3.2.2016 (9:00)
tte:
IV.3.4) Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast:
11.3.2016 (9:00)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
11.3.2016 (9:00)
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen - UK-Cambridge
Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Dokument Nr...: 3273-2016 (ID: 2016010609131640631)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
UK-Cambridge: Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
2016/S 3/2016 3273
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
The Police and Crime Commissioner for Cambridgeshire
N/A
S. Cambridgeshire Hall, Cambourne Business ParK, Cambourne
Kontaktstelle(n): Procurement Enquiries
CB23 6EA Cambridge
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 101
E-Mail: [5]ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[6]http://www.bedfordshire.police.uk
Adresse des Beschafferprofils:
[7]https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[8]https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUEL
IGHT
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
85140000
Beschreibung
Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust
Elizabeth House, Fulbourn Hospital
CB21 5EF Fulbourn
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Internet-Adresse: [9]http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
V.4)Angaben zum Auftragswert
Bei jährlichem oder monatlichem Wert Anzahl der Jahre 2
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
High Court (England, Wales and Northern Ireland)
Internet-Adresse: [10]https://www.judiciary.gov.uk
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
References
5. mailto:ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk?subject=TED
6. http://www.bedfordshire.police.uk/
7. https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
8. https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUELIGHT
9. http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
10. https://www.judiciary.gov.uk/
OT: 06/01/2016 S3 - - Services - Voluntary ex ante transparency
notice - Contract award without prior publication
United Kingdom-Cambridge: Miscellaneous health services
2016/S 003-003273
Voluntary ex ante transparency notice
This notice is covered by: Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority/entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
The Police and Crime Commissioner for Cambridgeshire
N/A
S. Cambridgeshire Hall, Cambourne Business ParK, Cambourne
Contact point(s): Procurement Enquiries
CB23 6EA Cambridge
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 101
E-mail: [6]ProcurementEnquiries@herts.pnn.police.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority/entity:
[7]http://www.bedfordshire.police.uk
Address of the buyer profile:
[8]https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/29016
Electronic access to information:
[9]https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=14434&B=BLUEL
IGHT
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Public order and safety
1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority/entity is purchasing on behalf of other
contracting authorities/entities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Provision of an Integrated Mental Health Team by Cambridgeshire and
Peterborough NHS Foundation Trust.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 25: Health and social services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Cambridgeshire.
NUTS code UKH
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
This VEAT notice is for the award of a 12 month contract to
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust (CPFT) for the
provision of an Integrated Mental Health Team within the Constabulary
Force Control Room. The justification for the award of a 12 month
contract extension is the continued access to the RiO case management
system which is restricted to CPFT staff only and to move away from
this system would mean losing a lot of historical data. The CPFT have
indicated they would have to seek the permission of each and every
client to provide their personal data many of the people the provider
work with may not have the ability to give such permission. Therefore
another provider would be unable to access the information the officers
and staff need to make informed decisions about the care of someone in
crisis. This is the crux of the service.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
85140000
II.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 180 000 GBP
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a contract notice in
the Official Journal of the European Union (in the cases listed in
Section 2 of Annexes D1, D2 or D3 as appropriate)
Justification for the choice of the negotiated procedure without prior
publication of a contract notice in the OJEU in accordance with
Directive 2004/18/EC
The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer
for reasons that are: connected with the protection of exclusive rights
Other justification for the award of the contract without prior
publication of a contract notice in the OJEU
The contract falls outside the scope of application of the Directive
The justification for the award of a 12 month contract extension is the
continued access to the RiO case management system which is restricted
to CPFT staff only and to move away from this system would mean losing
a lot of historical data. The CPFT have indicated they would have to
seek the permission of each and every client to provide their personal
data many of the people the provider work with may not have the
ability to give such permission. Therefore another provider would be
unable to access the information the officers and staff need to make
informed decisions about the care of someone in crisis. This is the
crux of the service.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting
authority/entity
C-2-0195-15
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
Section V: Award of contract
Contract No: 1 Lot No: 1 Lot title: Integrated Mental Health Provision
V.1)Date of contract award decision:
4.1.2016
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust
Elizabeth House, Fulbourn Hospital
CB21 5EF Fulbourn
UNITED KINGDOM
Internet address: [10]http://www.cpft.nhs.uk/contact-us.htm
V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 180 000 GBP
Excluding VAT
If annual or monthly value Number of years 2
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
High Court (England, Wales and Northern Ireland)
Internet address: [11]https://www.judiciary.gov.uk
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - ES-El Ejido
Arzneimittel
Dokument Nr...: 32773-2016 (ID: 2016013009053871931)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
ES-El Ejido: Arzneimittel
2016/S 21/2016 32773
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
ctra. de Almerimar, s/n
04700 El Ejido
SPANIEN
Telefon: +34 950022572
E-Mail: [4]mariaafrica.garcia@ephpo.es
Fax: +34 950022755
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ephpo.es
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33600000
Beschreibung
Arzneimittel.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 7.3.2016 - 14:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Spanisch.
References
4. mailto:mariaafrica.garcia@ephpo.es?subject=TED
5. http://www.ephpo.es/
OT: 30/01/2016 S21 - - Suministros - Anuncio de licitación -
Procedimiento abierto
España-El Ejido: Productos farmacéuticos
2016/S 021-032773
Anuncio de licitación
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
ctra. de Almerimar, s/n
04700 El Ejido
ESPAÑA
Teléfono: +34 950022572
Correo electrónico: [6]mariaafrica.garcia@ephpo.es
Fax: +34 950022755
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.ephpo.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados
arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos
los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema
dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto
mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos
de contacto mencionados arriba
I.2)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.3)Principal(es) actividad(es)
Salud
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes
adjudicadores: no
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Suministro de sueros con destino a la Agencia Pública Sanitaria
Poniente.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: Área de Farmacia de los centros hospitalarios de la Agencia
Pública Sanitaria Poniente.
Código NUTS ES611,ES614
II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el
sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Suministro de sueros con destino a la Agencia Pública Sanitaria
Poniente.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del subcontrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco euros (249
375 EUR) IVA excluido.
Valor estimado IVA excluido: 498 750 EUR
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
Información relativa a los lotes
Lote Nº: 1 Denominación: S. fisiológico 100 ml bolsa
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Setenta y dos mil ochocientos setenta y cinco euros (72 875 EUR) IVA
excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 2 Denominación: S. fisiológico 50 ml bolsa
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Cincuenta y tres mil euros (53 000 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 3 Denominación: S. fisiológico 1 000 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Treinta y dos mil seiscientos veinticinco euros (32 625 EUR) IVA
excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 4 Denominación: S. fisiológico 500 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Treinta y seis mil doscientos sesenta euros (36 260 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 5 Denominación: S. fisiológico irrigación 500 ml envase de
plástico semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Ocho mil setecientos cuarenta euros (8 740 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 6 Denominación: S. glucosa 5 % 1 000 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Dos mil seiscientos diez euros (2 610 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 7 Denominación: S. glucosa 5 % 500 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Tres mil trescientos treinta euros (3 330 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 8 Denominación: S. glucosalino 1 000 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Cuatro mil setecientos ochenta y cinco euros (4 785 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 9 Denominación: S. glucosalino 500 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Doce mil doscientos diez euros (12 210 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 10 Denominación: S. ringer 500 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Trece mil trescientos veinte euros (13 320 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Lote Nº: 11 Denominación: S. ringer lactato 500 ml envase de plástico
semirígido
1)Breve descripción
2)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
33600000
3)Cantidad o extensión
Nueve mil seiscientos veinte euros (9 620 EUR) IVA excluido.
4)Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la
ejecución del contrato
Duración en meses: 12 (a partir de la adjudicación del contrato)
5)Información adicional sobre los lotes
Se prevé una prórroga de carácter potestativa de 12 meses.
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y
técnico
III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o
referencia a las disposiciones que las regulan:
Véanse pliegos de condiciones.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores
económicos adjudicataria del contrato:
Véanse pliegos de condiciones.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o
mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos: Véanse pliegos de condiciones.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos: Véanse pliegos de condiciones.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los
requisitos:
Véanse pliegos de condiciones.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a
licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el
diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios
enumerados a continuación
1. Oferta económica (valoración automática). Ponderación 65
2. Oferta técnica (valoración no automática). Ponderación 35
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente:
PA 1/16
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y
documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso
a los mismos: 7.3.2016 - 14:00
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
participación
7.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las
invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las
solicitudes de participación
español.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de
ofertas)
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas
Lugar:
El acto público de la Mesa de Contratación será anunciado mediante fax
con 48 horas de antelación.
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: no
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: Se
estima una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga de
12 meses.
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
Si la fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de
participación fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil. El 6.3.2016 es domingo, por lo que la fecha límite
para la recepción de ofertas y solicitudes de participación se pasa al
7.3.2016.
Conforme a lo establecido en el artículo 159 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de presentación de
proposiciones para este procedimiento de reduce de 52 días a 40 días.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
ctra. de Almerimar, s/n
04700 El Ejido (Almería)
ESPAÑA
Correo electrónico: [8]mariaafrica.garcia@ephpo.es
Teléfono: +34 950022572
Fax: +34 950022755
Órgano competente para los procedimientos de mediación
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
ctra. de Almerimar, s/n
04700 El Ejido (Almería)
ESPAÑA
Correo electrónico: [9]mariaafrica.garcia@ephpo.es
Teléfono: +34 950022572
Fax: +34 950022755
VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
ctra. de Almerimar, s/n
04700 El Ejido (Almería)
ESPAÑA
Correo electrónico: [10]mariaafrica.garcia@ephpo.es
Teléfono: +34 950022572
Fax: +34 950022755
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Inkontinenzsätze - IT-Treviso
Inkontinenzsätze
Dokument Nr...: 32873-2016 (ID: 2016013009064372031)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
IT-Treviso: Inkontinenzsätze
2016/S 21/2016 32873
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Borgo Mazzini 48
Kontaktstelle(n): Ufficio Economato
31100 Treviso
ITALIEN
Telefon: +39 04224146
E-Mail: [4]info@israa.it, [5]israa@pec.it
Fax: +39 0422414414
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.israa.it
Adresse des Beschafferprofils: [7]http://www.israa.it
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]http://www.israa.it
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33141621
Beschreibung
Inkontinenzsätze.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.3.2016 - 13:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Italienisch.
References
4. mailto:info@israa.it?subject=TED
5. mailto:israa@pec.it?subject=TED
6. http://www.israa.it/
7. http://www.israa.it/
8. http://www.israa.it/
OT: 30/01/2016 S21 - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Treviso: Prodotti per l'incontinenza
2016/S 021-032873
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Borgo Mazzini 48
Punti di contatto: Ufficio Economato
31100 Treviso
ITALIA
Telefono: +39 04224146
Posta elettronica: [6]info@israa.it, [7]israa@pec.it
Fax: +39 0422414414
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[8]http://www.israa.it
Indirizzo del profilo di committente: [9]http://www.israa.it
Accesso elettronico alle informazioni: [10]http://www.israa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Altro: assistenza anziani
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice:
Somministrazione prodotti per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti.
Lotto unico.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Comune di Treviso.
Codice NUTS ITD34
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Somministrazione prodotti per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti.
Lotto unico.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141621
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo presunto 400 000 EUR (IVA esclusa) all'anno per ciascuno dei 6
anni contrattuali.
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva con le modalità indicate nel
capitolato speciale.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio. I pagamenti avverranno con le modalità
indicate nel capitolato speciale.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Per i raggruppamenti di impresa si applicano le disposizioni di cui
all'art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: La partecipazione è riservata alle sole ditte che esercitano
da almeno 3 anni attività di vendita di prodotti monouso per
incontinenza e linea igiene degli ospiti presso strutture collettive
per anziani e disabili, pubbliche o private, ed hanno fatturato negli
anni 2012, 2013, 2014 per le medesime attività un importo non inferiore
a 1 200 000 EUR (IVA esclusa) in ciascuno degli anni indicati.
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara dovranno presentare le
dichiarazioni e la documentazione amministrativa indicate nel
capitolato speciale.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Come al punto III.2.1).
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Come al punto III.2.1).
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
unofferta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
7.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 9.3.2016 - 15:30
Luogo:
Sede Menegazzi, Via Noalese 40 31100 Treviso.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Durante la seduta pubblica potranno formulare eventuali
osservazioni da mettere a verbale solamente i legali rappresentanti
delle ditte concorrenti ed i soggetti che esibiranno al Presidente
della Commissione una procura speciale, con firma autenticata nelle
forme di legge.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
Tutti i documenti per partecipare alla gara sono disponibili per via
elettronica sul sito della stazione appaltante [11]www.israa.it con
accesso libero, diretto e completo.
Il Capitolato speciale forma parte integrante del presente Bando.
Prestazione principale dell'appalto: fornitura di prodotti. Prestazioni
secondarie: servizio trasporto, consulenze e servizi post-vendita.
RUP (responsabile unico procedimento): dott. Marco Giacon.
CIG (Codice Identificativo di Gara): 65575705F3.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Canareggio 2277/2278
31100 Venezia
ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si
applicano gli art. 243-bis e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) - FR-Talence
Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
Dokument Nr...: 32973-2016 (ID: 2016013009075172141)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
FR-Talence: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
2016/S 21/2016 32973
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
CNRS Délégation Aquitaine
Esplanade des Arts et Métiers BP 105
Zu Händen von: Julien Val
33402 Talence Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 557355863
E-Mail: [4]julien.val@cnrs.fr
Fax: +33 557355801
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cnrs.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
38000000
Beschreibung
Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser).
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.3.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:julien.val@cnrs.fr?subject=TED
5. http://www.cnrs.fr/
6. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
7. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
8. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
OT: 30/01/2016 S21 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Talence: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision
(excepté les lunettes)
2016/S 021-032973
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
CNRS Délégation Aquitaine
Esplanade des Arts et Métiers BP 105
À l'attention de: Julien Val
33402 Talence Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 557355863
E-mail: [6]julien.val@cnrs.fr
Fax: +33 557355801
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.cnrs.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Accès électronique à l'information:
[9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique:
[10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: Recherche
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Acquisition, livraison, installation et mise en service d'une structure
pour le fibrage de verre à Tg basses et modérées pour le compte de
l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (I.C.M.C.B.)
du CNRS.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Institut de Chimie de la Matière Condensée
de
Bordeaux (ICMCB)
Unité propre de Recherche n°9048
87 avenue du Dr Albert Schweitzer 33608 Pessac
cedex France.
Code NUTS FR612
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Acquisition d'une structure pour le fibrage de verre à bas Tg.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
38000000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Acquisition d'une structure pour le fibrage de verre à bas Tg.
Valeur estimée hors TVA:
fourchette: entre 180 000 et 200 000 EUR
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 6 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Néant.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Le financement est assuré par les ressources budgétaires du CNRS. Une
avance de 10 % est prévue dans le cadre du marché. Le règlement du
marché est effectué sur présentation de factures d'acompte par virement
administratif dans les 30 jours à compter de la date de réception de la
facture ou de la date de la réalisation de la prestation.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Les règles relatives au groupement d'opérateurs économiques sont fixées
à l'article 22 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement
conjoint ou solidaire.
Toutefois, les candidats sont informés que:
il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements,
il leur est interdit de présenter pour le présent marché plusieurs
offres en agissant en qualité de membres de plusieurs groupements,
le groupement attributaire du marché est contraint d'assurer sa
transformation en groupement solidaire.
Excepté en cas de liquidation judiciaire ou d'impossibilité
indépendante de la volonté des membres du groupement, la composition de
celui-ci ne peut être modifiée entre la date remise de la candidature
et la date designature de marché.
Dans ce cas, le groupement peut demander au CNRS l'autorisation de
participer à la consultation sans ce(s)membre(s), le cas échéant en
proposant un ou plusieurs sous-traitants.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si
ces exigences sont remplies: La lettre de candidature établie sur
l'imprimé DC1.
Les pouvoirs de la personnes habilitée à engager la société.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: La copie du ou des jugements prononcés dans le cas où le
candidat est en redressement judiciaire (impriméDC2).
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer
si ces exigences sont remplies:
la liste des principales prestations réalisées en lien avec l'objet
du marché effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé, ainsi qu'un
contact auprès duquel des renseignement complémentaires pourront être
obtenus,
les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement,
le matériel et l'équipement technique dont il dispose.
Une note de présentation de l'entreprise décrivant
notamment son organisation, ses moyens matériels,
ses effectifs
Des certificats de qualité ou de capacités délivrés par
des organismes indépendants ou moyens de preuve
équivalents, notamment des certificats de qualifications
professionnelles ou de conformité à des spécifications
techniques.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
linvitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document
descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
15 15 018
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
15.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
FRANCE
Organe chargé des procédures de médiation
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux
FRANCE
Téléphone: +33 556993800
Adresse internet: [11]http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet BP 947
33063 Bordeaux
FRANCE
Téléphone: +33 556993800
Adresse internet: [12]http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
VI.5)Date denvoi du présent avis:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör - BE-Gent
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
Dokument Nr...: 33073-2016 (ID: 2016013009083972242)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
BE-Gent: Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
2016/S 21/2016 33073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
BELGIEN
Telefon: +32 92667780
Fax: +32 92667379
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.gent.be
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
39220000
Beschreibung
Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Broos-Trading BVBA
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. http://www.gent.be/
OT: 30/01/2016 S21 - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare
procedure
België-Gent: Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en
cateringbenodigdheden
2016/S 021-033073
Aankondiging van een gegunde opdracht
Leveringen
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
BELGIË
Telefoon: +32 92667780
Fax: +32 92667379
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [6]www.gent.be
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van keukenbenodigdheden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Grondgebied stad Gent.
NUTS-code BE234
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch
aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Raamovereenkomst voor het leveren van keukenbenodigdheden.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
39220000
II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 70
2. Duurzaamheid. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
ECO/2015/025 - ID2547
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [7]2015/S 197-356430 van
10.10.2015
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Titel: Raamovereenkomst voor het leveren van
keukenbenodigdheden
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
7.1.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Broos-Trading BVBA
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Opgelet:
Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder
opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van
e-Notification.
Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de
hiervoor aangemaakte knop te drukken toevoegen aan favorieten en de
functie messaging te activeren.
U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Polizeiausrüstung - DE-Wiesbaden
Polizeiausrüstung
Dokument Nr...: 33173-2016 (ID: 2016013009093672343)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
DE-Wiesbaden: Polizeiausrüstung
2016/S 21/2016 33173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
Willy-Brandt-Allee 20
Zu Händen von: Elke Herborn
65197 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 611/8801-0
E-Mail: [6]vergabe.ptlv@polizei.hessen.de
Fax: +49 611/8801-3109
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://vergabe.hessen.de
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.vergabe.hessen.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Rahmenvertrag zur Lieferung von Verkehrssignal-Warnfackeln.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1), Willy-Brandt-Allee
20, 65197 Wiesbaden.
NUTS-Code DE7
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Rahmenvertrag zur Lieferung von Verkehrssignal-Warnfackeln.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
35200000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 323 400 EUR
ohne MwSt
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. 1 Preis. Gewichtung 30
2. 2 Technik. Gewichtung 70
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
VG-A0008-2015-0041
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [9]2015/S 184-333781 vom 23.9.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Rahmenvertrag zur Lieferung von
Verkehrssignal-Warnfackeln
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28.1.2016
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Fritz Sauer Kunst-Feuerwerk-Fabrik
Westendstr. 19
86368 Gersthofen
DEUTSCHLAND
E-Mail: [10]info@feuerwerk-sauer.de
Telefon: +49 821-496075
Fax: +49 821-493319
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 323 400 EUR
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6151/126601
Fax: +49 6151/125816
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.1.2016
References
6. mailto:vergabe.ptlv@polizei.hessen.de?subject=TED
7. http://vergabe.hessen.de/
8. http://www.vergabe.hessen.de/
9. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333781-2015:TEXT:DE:HTML
10. mailto:info@feuerwerk-sauer.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Einbauküchen - DE-Duisburg
Einbauküchen
Dokument Nr...: 33273-2016 (ID: 2016013009105272443)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
DE-Duisburg: Einbauküchen
2016/S 21/2016 33273
Stadt Duisburg, Sonnenwall 73-75, Hauptamt Einkauf, Zu Händen von: Frau
Brachmann, Duisburg 47049, DEUTSCHLAND. Telefon: +49 2032838306. Fax:
+49 2032834747. E-Mail: c.brachmann@stadt-duisburg.de
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 26.12.2015, [1]2015/S
250-458248)
Betr.:
CPV:39141400
Einbauküchen
Anstatt:
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
4.2.2016 (12:00)
muss es heißen:
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
Teilnahmeanträge:
16.2.2016 (12:00)
Weitere zusätzliche Informationen
Zu berichtigende oder zusätzliche Informationen in den entsprechenden
Ausschreibungsunterlagen.
Weitere Auskünfte, siehe entsprechende Ausschreibungsunterlagen.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458248-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung - IT-Udine
Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung
Dokument Nr...: 33373-2016 (ID: 2016013009115672542)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
IT-Udine: Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung
2016/S 21/2016 33373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Comune di Udine
Via Lionello 1
33100 Udine
ITALIEN
Telefon: +39 04321272489-480-502
E-Mail: [4]proceduredigara@comune.udine.it
Fax: +39 04321270363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.comune.udine.it
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Comune di Udine
Via Lionello 1
Kontaktstelle(n): U.O. Procedure di gara
33100 Udine
ITALIEN
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
75130000
Beschreibung
Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 14.3.2016 - 12:15
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
14.3.2016 - 12:15
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Italienisch.
References
4. mailto:proceduredigara@comune.udine.it?subject=TED
5. http://www.comune.udine.it/
OT: 30/01/2016 S21 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Udine: Servizi di supporto per il governo
2016/S 021-033373
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Udine
Via Lionello 1
33100 Udine
ITALIA
Telefono: +39 04321272489-480-502
Posta elettronica: [6]proceduredigara@comune.udine.it
Fax: +39 04321270363
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.comune.udine.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di
Udine
Via Lionello 1
Punti di contatto: U.O. Procedure di gara
33100 Udine
ITALIA
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice:
Servizio di gestione di tutte le attività inerenti al procedimento
sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada,
leggi nazionali, regionali, e regolamenti e ordinanze, con fornitura
del relativo software gestionale vedi Capitolato Speciale d'Appalto
(di seguito C.S.A.).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Udine, vedi art. 1 C.S.A.
Codice NUTS ITD42
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gestione del servizio di cui al punto II.1.1.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
75130000
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Entità totale: importo complessivo a base d'appalto 969 000 EUR (I.V.A.
esclusa. Spese postali escluse). Gli oneri per la sicurezza, derivanti
da rischi da interferenza, ammontano a 0 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 969 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: 2 %, arrotondato per difetto, dell'importo di 969
000 EUR. Cauzione definitiva: 10 % dell'importo contrattuale. Vedi art.
14 C.S.A. e Allegato 2 al C.S.A.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri. Pagamenti: vedi art. 7 C.S.A.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Raggruppamento di imprese ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 (vedi Allegato 2
al C.S.A.).
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Si veda Allegato 2 al C.S.A.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio:
sì
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
unofferta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d'oneri, nellinvito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 14.3.2016 - 12:15
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
14.3.2016 - 12:15
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.3.2016 - 9:30
Luogo:
Udine, Via Lionello 1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
Su procedure di gara tel. 04321272489-80-502 (U.O. Procedure di
gara), su aspetti tecnici, tel. 0432/1272321 (U.O. Procedimenti
Sanzionatori). Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire
unitamente alla documentazione richiesta nell'Allegato 2 al CSA pena
esclusione entro le ore 12:15 del giorno 14.3.2016 all'indirizzo
indicato al punto I.1 del presente bando. Non sono ammesse offerte in
aumento; l'Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici
competenti, l'anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. del
D.Lgs. 163/2006. Per modalità di presentazione dell'offerta e
prescrizioni generali: cfr. Allegato 2 al C.S.A. L'Amministrazione si
riserva di non riscontrare le richieste di documentazione o di accesso
pervenute successivamente al termine indicato al punto IV.3.3. Le
informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno
essere richieste entro il 7.3.2016 alle ore 12:15; l'Amministrazione si
riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute
successivamente. Determinazione di indizione della procedura:
determinazione dirigenziale n. cron. 149 del 21.1.2016 esec. il
21.1.2016 C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 655752941E Responsabile
del Procedimento: il Dirigente del Servizio Polizia Locale: dott.
Sergio Bedessi. Tutta la documentazione è disponibile presso l'U.O.
Procedure di Gara, Via Lionello 1, 2° piano, Udine, e sul sito Internet
[8]www.comune.udine.it. La documentazione potrà richiedersi con invio
busta formato A4 affrancata con 10 EUR recante l'indirizzo della Ditta.
F.to dott. Sergio Bedessi.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono: +39 0406724711
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen - IT-Legnago
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 33473-2016 (ID: 2016013009124172639)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
IT-Legnago: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
2016/S 21/2016 33473
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Legnago Servizi SpA
Via Pasubio 14/A
37045 Legnago (VR)
ITALIEN
Telefon: +39 0442605311
E-Mail: [4]legnago.servizi@lesespa.it
Fax: +39 0442605318
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.lesespa.it
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90510000
Beschreibung
Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 14.3.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.3.2016 - 13:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Italienisch.
References
4. mailto:legnago.servizi@lesespa.it?subject=TED
5. http://www.lesespa.it/
OT: 30/01/2016 S21 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Legnago: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2016/S 021-033473
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Legnago Servizi SpA
Via Pasubio 14/A
37045 Legnago (VR)
ITALIA
Telefono: +39 0442605311
Posta elettronica: [6]legnago.servizi@lesespa.it
Fax: +39 0442605318
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]http://www.lesespa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: impresa di servizi a capitale misto pubblico privato
I.3)Principali settori di attività
Ambiente
Altro: costruzione e gestione impianti di smaltimento
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice:
Accordo quadro con più operatori economici per il servizio di trasporto
e smaltimento percolato da discarica CER 190703 CIG 655770555B.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e
delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Loc. Torretta 37045 Legnago (VR)
Italia.
Codice NUTS ITD31
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Lavviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 6
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 12
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo
quadro
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 520 900 e 1 301 800 EUR
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con più
operatori economici da Servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto
CER 190703 percolato di discarica. È previsto il prelievo del percolato
da apposite cisterne di stoccaggio site presso il Sistema Integrato di
trattamento e smaltimento RSNP in località Torretta di Legnago (VR) e
il trasporto e successivo smaltimento presso gli impianti di
smaltimento individuati dall'offerente e appositamente autorizzati.
CPV Oggetto principale: 90510000-5
CPV Oggetti complementari: 90512000-9.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo stimato a base d'asta, comprensivo di rinnovo e IVA
esclusa, compreso tra 1 040 900 EUR (un milione quarantamilanovecento
euro) e 2 601 800 EUR (duemilioniseicentounmilaottocento euro), di cui
300 EUR (trecento euro) per gli oneri per la sicurezza per ciascun
operatore economico aggiudicatario, non soggetti a ribasso, relativo ad
un quantitativo presunto compreso tra 40 000 e 100 000 tonnellate di
percolato.
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, le offerte devono essere
corredate da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell'importo posto a
base di gara da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione,
ai sensi di legge. L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50
% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La
cauzione definitiva verrà calcolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La copertura finanziaria viene assicurata da fondi propri di bilancio.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato
speciale d'Oneri. Non saranno ammesse cessioni di credito.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Concorrenti di cui all'art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti
da imprese singole, riunite e consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex art.
37, comma 8, D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett.
m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359. Saranno altresì esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi,
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 2, lett. b) del Codice.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: L'operatore economico dovrà:
essere iscritto al competete registro delle imprese della C.C.I.A.A.
con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto; in
caso di ATI e/o di Consorzi la compatibilità dell'oggetto sociale di
ciascuna impresa partecipante va rapportata alla parte dell'appalto
effettivamente svolta;
non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 38 co. 1 del D.Lgs. n.
163/2006;
non essere incorsi nella cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all'art.67 del D.Lgs. 6.9.2011 n.159;
nel caso di RTI già costituita, che tutte le imprese associate
possiedono i requisiti di carattere generale;
nel caso di consorzi, che tutte le imprese consorziate possiedono i
requisiti di carattere generale; che nessuna delle consorziate
partecipi alla presente gara in qualità di altro concorrente;
Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le
disposizioni previste dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Il fatturato globale d'impresa, calcolato sull'ultimo triennio
(2013-2014-2015) non deve essere inferiore a 3 000 000 EUR (euro tre
milioni).La dimostrazione dovrà essere fornita in conformità all'art.
41 del D.Lgs. n. 163/2006.
-presentazione di almeno n.2 dichiarazioni bancarie in originale
attestanti la capacità finanziaria dell'impresa.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Le concorrenti devono presentare l'elenco delle principali prestazioni,
analoghe a quella oggetto della presente gara, effettuate negli ultimi
3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, delle prestazioni stesse; se trattasi di
prestazioni di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di prestazioni di
servizi effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio:
no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
unofferta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice:
Gara dAppalto n. 01CE/2016 - CIG 655770555B
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 14.3.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
22.3.2016 - 13:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.3.2016 - 15:00
Luogo:
Sede amministrativa Legnago Servizi SpA Via Pasubio 14/A Legnago
(VR)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento delle
sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori,
soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i
procuratori muniti di regolare delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
Il disciplinare di gara e gli altri atti di gara potranno, senza oneri,
essere scaricati dal concorrente direttamente dal sito
[8]www.lesespa.it
Eventuali richieste di chiarimenti potranno pervenire a Legnago Servizi
SpA esclusivamente in forma scritta via PEC all'indirizzo
[9]lese@pec.lesespa.it e posti all'attenzione del responsabile del
procedimento entro e non oltre il 14.3.2016. Il presente bando è
integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura è
soggetta alle verifiche tramite AVCPass e i concorrenti devono
obbligatoriamente registrarsi al suddetto sistema. Il presente bando è
altresì reperibile sui siti internet di Legnago Servizi SpA e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Responsabile del
procedimento è il geom. Manuel Marzari.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale
Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278
30121 Venezia (VE)
ITALIA
Posta elettronica: [10]Seggen.ve@giustizia-amministrativi.it
Telefono: +39 0412403911
Indirizzo internet: [11]http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0412403940
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Modi e
termini fissati dagli artt. da 243-bis a 246 del D.Lgs. 163/2006.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Verteileranlage - UK-Norwich
Verteileranlage
Dokument Nr...: 33573-2016 (ID: 2016013009141972743)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
UK-Norwich: Verteileranlage
2016/S 21/2016 33573
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
Norfolk
Zu Händen von: Nathan Stone
NR4 7UY Norwich
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1603286863
E-Mail: [4]nathan.stone@nnuh.nhs.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.nnuh.nhs.uk/
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
31213400
Beschreibung
Verteileranlage.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
28.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:nathan.stone@nnuh.nhs.uk?subject=TED
5. http://www.nnuh.nhs.uk/
OT: 30/01/2016 S21 - - Services - Contract notice - Negotiated
procedure
United Kingdom-Norwich: Distribution system
2016/S 021-033573
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
Norfolk
For the attention of: Nathan Stone
NR4 7UY Norwich
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1603286863
E-mail: [6]nathan.stone@nnuh.nhs.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.nnuh.nhs.uk/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust
Distribution and Supply of Clinical and Non-Clinical Products.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
NUTS code UKH13
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 10
Duration of the framework agreement
Duration in months: 3
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
The purpose of this notice is to engage in contract with 1 preferred
supplier. The supplier will be expected to supply and distribute 0-16
000 000 GBP worth of spend to Norfolk and Norwich University Hospitals
and 3 partner sites.
This contract will become a framework that other trusts can access.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
31213400
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
The duration of this contract will be for 2 years with the option to
renew for 1 year.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 0,01 and 16 000 000 GBP
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
As per PQQ / NHS T&C.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
As per PQQ / NHS T&C.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
As per PQQ / NHS T&C.
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: As per PQQ / NHS T&C.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: As per PQQ / NHS T&C.
Minimum level(s) of standards possibly required: As per PQQ / NHS T&C.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
As per PQQ / NHS T&C.
Minimum level(s) of standards possibly required:
As per PQQ / NHS T&C.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under
certain types of negotiated procedures) no
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
Envisaged number of operators: 10
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: An e-Auction will be
used to determine cost to serve price.
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Kurierdienste - IT-Turin
Kurierdienste
Dokument Nr...: 33673-2016 (ID: 2016013009154372838)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
IT-Turin: Kurierdienste
2016/S 21/2016 33673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
Zu Händen von: Dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
ITALIEN
Telefon: +39 0113044-312
E-Mail: [4]infogare@gtt.to.it
Fax: +39 0113044-311
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.gtt.to.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
64120000
Beschreibung
Kurierdienste.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 49/2015
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Telecontrol Vigilanza SpA
Rivoli Torino
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 664 863,41 EUR
References
4. mailto:infogare@gtt.to.it?subject=TED
5. http://www.gtt.to.it/
OT: 30/01/2016 S21 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
aperta
Italia-Torino: Servizi di corriere
2016/S 021-033673
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Gruppo Torinese Trasporti SpA
Corso F. Turati 19/6
All'attenzione di: Dr.ssa Laura Malabaila
10128 Torino
ITALIA
Telefono: +39 0113044-312
Posta elettronica: [6]infogare@gtt.to.it
Fax: +39 0113044-311
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.gtt.to.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società per azioni a capitale pubblico
I.3)Principali settori di attività
Altro: trasporto ferrotranviario e automobilistico
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Appalto GTT 49/2015 Servizio di distribuzione dei documenti di
viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in Torino, in prima
cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica telefonica. CIG
62119306CC.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi
i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del
trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Torino.
Codice NUTS ITC11
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Appalto GTT 49/2015 Servizio di distribuzione dei documenti di
viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in Torino, in prima
cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica telefonica. CIG
62119306CC.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
64120000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica. Ponderazione 40
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
49/2015
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 076-134435 del 18.4.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 49/2015 Denominazione: Servizio di distribuzione dei
documenti di viaggio e sosta ai punti vendita autorizzati GTT in
Torino, in prima cintura e in area intercomunale con assistenza tecnica
telefonica
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.9.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Telecontrol Vigilanza SpA
Rivoli Torino
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 664 863,41 EUR
V.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al disciplinare di gara
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Si rinvia al disciplinare di gara
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si
rinvia al disciplinare di gara.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
Si rinvia al disciplinare di gara
ITALIA
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten - BG-Plovdiv
Bauarbeiten
Dokument Nr...: 3373-2016 (ID: 2016010609141340732)
Veröffentlicht: 06.01.2016
*
BG-Plovdiv: Bauarbeiten
2016/S 3/2016 3373
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
EVN Balgariya Toplofikatsiya EAD
Hr. G. Danov No. 37
Zu Händen von: Mariana Zyumbileva
4000 Plovdiv
BULGARIEN
Telefon: +359 32302631
Fax: +359 32278500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.evn.bg
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.as
px?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45000000
Beschreibung
Bauarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 143 259 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Auftrags-Nr: 4600003396
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
, 175597795
. 100 . 22 5
1404
BULGARIEN
Telefon: +359 29515664
E-Mail: [6]scontrol@techno-link.com
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 143 259 BGN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. http://www.evn.bg/
5. http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
6. mailto:scontrol@techno-link.com?subject=TED
OT: 06/01/2016 S3 - - - -
-:
2016/S 003-003373
2004/17/
:
I.1), /
E
115016602
. . 37
:
4000
: +359 32302631
: .@evn.bg
: +359 32278500
/:
: [6]www.evn.bg
:
[7]http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20151007_stroitelen-nadzor.as
px?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
I.2)
,
I.3)
:
:
II.1)
II.1.1)
,
,
,
,
" " .
, -12----11,
:
, ,
,
,
" " .
.
II.1.2) ,
12: ;
;
; ,
,
:
E.
II.1.3)
()
II.1.4) /:
,
,
,
,
.
.
II.1.5)O (CPV)
45000000
II.1.6) (GPA)
(GPA):
II.2) /
II.2.1) /
: 143 259 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
-
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) , :
-12----11
IV.3.2)
: [8]2012/S 211-347965 1.11.2012
V:
V.1)
: 4600003396
:
,
,
,
,
.
V.1.1) :
24.11.2015
V.1.2)
: 3
V.1.3) ,
, 175597795
. 100 . 22 5
1404
: +359 29515664
: [9]scontrol@techno-link.com
V.1.4)
:
: 143 259 BGN
:
: 2
V.1.5) /
/:
V.1.6)
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
VI.3)
VI.3.1),
. 18
1000
: [10]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [11]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen - FR-Marseille
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
Dokument Nr...: 33773-2016 (ID: 2016013009163072937)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
FR-Marseille: Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
2016/S 21/2016 33773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Aix-Marseille Université
58 bd Charles Livon
Zu Händen von: Danielle Henrio
13284 Marseille Cedex 7
FRANKREICH
Telefon: +33 0486136854
E-Mail: [4]danielle.henrio@univ-amu.fr
Fax: +33 0491313136
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.univ-amu.fr/
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[6]http://www.marches-publics.gouv.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50720000
Beschreibung
Reparatur und Wartung von Zentralheizungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 5 794,43 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015SAMUAO0183
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Maintenance Thermique
47 boulevard des Aciéries
13010 Marseille
FRANKREICH
E-Mail: [7]vahamann@nexilis.fr
Telefon: +33 820902223
Internet-Adresse: [8]https://www.nexilis.fr
Fax: +33 491898004
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 794,43 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
References
4. mailto:danielle.henrio@univ-amu.fr?subject=TED
5. http://www.univ-amu.fr/
6. http://www.marches-publics.gouv.fr/
7. mailto:vahamann@nexilis.fr?subject=TED
8. https://www.nexilis.fr/
OT: 30/01/2016 S21 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Négociée sans mise en concurrence
France-Marseille: Services de réparation et d'entretien de chauffage
central
2016/S 021-033773
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Aix-Marseille Université
58 bd Charles Livon
À l'attention de: Danielle Henrio
13284 Marseille Cedex 7
FRANCE
Téléphone: +33 0486136854
E-mail: [6]danielle.henrio@univ-amu.fr
Fax: +33 0491313136
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.univ-amu.fr/
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [8]http://www.marches-publics.gouv.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: Établissement d'enseignement supérieur et recherche
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Exploitation et maintenance des installations thermiques sur le campus
de Timone pour la prise en charge d'un bâtiment appelé «bâtiment
pédagogique»
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Campus Timone,.27 boulevard Jean Moulin
13385 Marseille Cedex 05.
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Exploitation et maintenance des installations de chauffage, ventilation
et climatisation de bâtiment pédagogique situé sur le site du Campus
Timone au 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50720000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 5 794,43 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée sans publication préalable dun avis de marché
Justification de lattribution du marché sans publication préalable
dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de
travaux/services existants et commandés dans des conditions
rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
217-2015
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015SAMUAO0183 Intitulé: Exploitation et maintenance des
installations thermiques sur le campus de Timone pour la prise en
charge d'un bâtiment appelé «bâtiment pédagogique»
V.1)Date d'attribution du marché:
15.10.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Maintenance Thermique
47 boulevard des Aciéries
13010 Marseille
FRANCE
E-mail: [9]vahamann@nexilis.fr
Téléphone: +33 820902223
Adresse internet: [10]https://www.nexilis.fr
Fax: +33 491898004
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 5 794,43 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 2
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
13006 Marseille
FRANCE
E-mail: [11]greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22-24 rue Breteuil
13006 Marseille
FRANCE
E-mail: [12]greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4)Date denvoi du présent avis:
27.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Architekturentwurf - DE-Friedberg (Hessen)
Architekturentwurf
Planungsleistungen im Bauwesen
Dokument Nr...: 33873-2016 (ID: 2016013009173173032)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
DE-Friedberg (Hessen): Architekturentwurf
2016/S 21/2016 33873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Land Hessen vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
(LBIH), Niederlassung Mitte, Zentrale Vergabe
Schützenrain 5 7
61169 Friedberg (Hessen)
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6031/167-0
E-Mail: [6]vof-fbg.info@lbih.hessen.de
Fax: +49 6031/167-126
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Bildung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Architekten- und Fachplanungsleistungen für den Neubau des
Forschungsgebäudes Center für Infection and Genomics of the Lung
(CIGL) am Standort Natur- und Lebenswissenschaften der Universität
Gießen.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 12: Architektur, technische Beratung und
Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und
Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische
Beratung, technische Versuche und Analysen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Gießen.
NUTS-Code DE72
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Die Justus-Liebig-Universität Gießen plant im Rahmen des
HEUREKA-Programms die Errichtung eines Forschungsneubaus für das
Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL) der
Justus-Liebig-Universität Gießen. Der Neubau soll im biomedizinischen
Forschungscampus in den Natur- und Lebenswissenschaften entstehen.
Geplant ist, das CIGL-Gebäude mit direkter Anbindung an das bereits
vorhandene ECCPS-Gebäude zentral in dem biomedizinischen
Forschungscampus zu positionieren. Durch die hierdurch realisierte
direkte Anbindung an das Haus C Seltersberg (ebenfalls weitgehend für
Lungenforschung genutzt) entsteht ein zusammenhängender Gebäudekomplex
mit optimaler Funktionalität. Unmittelbar benachbart ist das neue
Biomedizinische Forschungszentrum Seltersberg (BFS), sowie das in
Errichtung befindliche medizinische Forschungsgebäude FORMED.
Die geschätzten Baukosten belaufen sich bei einer NF 1-6 von 1 569 m^2
auf 16 300 000 EUR. Die geschätzten Gesamtkosten inkl. Gerät belaufen
sich somit auf 22 900 000 EUR. Der Baubeginn ist für Mitte 2016
vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2018 geplant.
Die vergebenen Planungsleistungen beziehen sich auf ein Gesamtvolumen
von rund 9 300 000 EUR (netto) für die Kostengruppen 300 (ca. 4 500 000
EUR) und 400 (ca. 4 800 000 EUR).
Auf Basis der bestehenden Vorplanungen sind für die Fachdisziplin
Gebäude (Architektenleistungen) die Leistungsphasen 3 bis 8 zu
erbringen (Leistungsphasen der anderen Fachdisziplinen: siehe II.2.1)
und II.2.2)), die stufenweise beauftragt werden können.
Die besonderen Anforderungen dieses Neubaus im Bereich Forschung liegen
in der Funktion als Laborgebäude.
Eine Abstimmung mit den separat vergebenen Planungen zu Freianlagen,
nutzungsspezifischen Anlagen und Tragwerk ist erforderlich.
Auftraggeber ist das Land Hessen vertreten durch das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst vertreten durch die
Justus-Liebig-Universität Gießen vertreten durch den Landesbetrieb Bau
und Immobilien Hessen (LBIH), Niederlassung Mitte.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71220000, 71320000
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 505 326,10 EUR
ohne MwSt
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum Wettbewerb
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Konzeptentwurf. Gewichtung 30
2. Personaleinsatzkonzept, Leistungsfähigkeit
Projektleiter/Projektteam. Gewichtung 25
3. Erwartete fachliche Leistung hinsichtlich Projekterfolg und Qualität
der Planungsleistung. Gewichtung 25
4. Darstellung der Methodik zur Sicherstellung des Projekterfolgs durch
Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten. Gewichtung 15
5. Honorarangebot. Gewichtung 5
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
A.0435.120509
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [7]2015/S 024-040295 vom 4.2.2015
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Bezeichnung: Objektplanung Gebäude UND Fachplanung
Technische Ausrüstung
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
19.12.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
hks architekten
Gorkistraße 14
99084 Erfurt
DEUTSCHLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 284 922 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 505 326,10 EUR
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Nachr. HAD-Ref.: 39/5962.
Nachr. V-Nr/AKZ: A.0435.120509.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
DEUTSCHLAND
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
DEUTSCHLAND
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.1.2016
References
6. mailto:vof-fbg.info@lbih.hessen.de?subject=TED
7. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:040295-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betonarbeiten - DE-Kiel
Betonarbeiten
Bauarbeiten für Lagerhallen
Estricharbeiten
Stahlbetonarbeiten
Dokument Nr...: 33973-2016 (ID: 2016013009182973129)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
DE-Kiel: Betonarbeiten
2016/S 21/2016 33973
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Bauauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Seehafen Kiel GmbH & Co.KG
Schwedenkai 1
Kontaktstelle(n): Abteilung Technik
Zu Händen von: Herrn J. Conrad
24103 Kiel
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4319822175
E-Mail: [6]jconrad@portofkiel.com
Fax: +49 4319822177
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.portofkiel.com
Elektronischer Zugang zu Informationen: [8]www.bi-medien.de/start
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: bi medien GmbH
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4315359289
E-Mail: [9]vu@bi-medien.de
Internet-Adresse: [10]http://www.bi-medien.de/start
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Neubau einer Lagerhalle Schuppen 10 Ostuferhafen (OUH)
Industriebetonsohle.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Ostuferhafen,
24149 Kiel,
Deutschland.
NUTS-Code DEF02
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG plant im Ostuferhafen die Errichtung
einer Lagerhalle (Schuppen 10) zur Einlagerung von Forstprodukten,
meist im Turmstau und Palettenware im Blockstau. Gegenstand dieser
Ausschreibung ist die Herstellung der Industriebetonsohle. Die
Flächengröße beträgt rd. 17 800 m².
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45262300, 45213220, 45262320, 45262310
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Die Industriebetonsohle ist für eine Fläche von rd. 17 800 m²
herzustellen.
Dazu gehören:
Sauberkeitsschicht,
Fugenausbildung und Fugenverdüblung,
Aussparungen und Leitungsdurchführungen,
Randdämmstreifen,
Randfugen.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 7.7.2016 Abschluss 17.8.2016
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Sicherheitsleitsungen nach §17 VOB/B.
5 v. H. der Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung,
3 v. H. der Auftragssumme als Sicherheit für Mängelansprüche.
Die Sicherheit für die Vertragserfüllung wird durch die Sicherheit für
Mängelansprüche abgelöst. Näheres ergibt
sich aus den Vergabeunterlagen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Es gelten die Zahlungsbedingungen von §16 VOB/B in der Fassung vom
31.7.009, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26.6.2012.
Näheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haben eine Erklärung abzugeben,
dass sie gesamtschuldnerisch haften.
Weiterhin ist durch die Bietergemeinschaft ein bevollmächtigter
Vertreter zu benennen.
Näheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
Darlegung der besonderen Bedingungen: Verpflichtungserklärung nach dem
Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein (TTG):
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften,
soweit diese bei der Angebotsabgabe
bekannt sind, müssen die gemäß § 4 TTG erforderliche
Verpflichtungserklärungen mit der Einreichung des
Angebots abgeben (§ 8 Abs. (1) TTG). Die Verpflichtungserklärung ist
Bestandteil der Vergabeunterlagen.
Sie werden verpflichtet,
Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
öffentlichen Bauauftrag handelt,
bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Vergabe-
und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB), Teil B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen
(VOB/B) in der Fassung vom 31.7.2009 (BAnz. Nr. 155 a vom 15.10.2009),
zuletzt geändert durch
Bekanntmachung vom 26.6.2012 (BAnz. AT 13.7.2012 B3), bei der
Weitergabe von Dienstleistungen
die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Teil B,
Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Leistungen (VOL/B) vom 5. August 2003 zum
Vertragsbestandteil zu machen,
den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingungen
aufzuerlegen, als sie zwischen dem Aufnehmer und dem öffentlichen
Auftraggeber vereinbart werden.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste
einer Präqualifikationsstelle oder Eigenerklärungen gem. Formblatt
Eigenerklärungen zur Eignung- nachzuweisen.
Zugelassene Präqulifikationsstellen: PQ VOB.
Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere
Wahl, sind die im Formblatt:
Eigenerklärung zur Eignung- angegebenen Bescheinigungen innerhalb von
6 Kalendertagen nach
Aufforderung vorzulegen.
Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten
anderer Unternehmen, ist die jeweilige
Nummer im
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und
Bescheinigungen gemäß dem Formblatt:
Eigenerklärung zur Eignung- auch für diese anderen Unternehmen auf
Verlangen vorzulegen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist
eine Übersetzung in die deutsche Sprache
beizufügen.
Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung ist erhältlich: wird mit den
Vergabeunterlagen ausgegeben.
Als Eigenerklärung vorzulegen:
Angaben zur Eintragung im Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes
des Unternehmens,
Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
geregeltes Verfahren eröffnet/die
Eröffnung beantragt/mangels Masse abgelehnt/ein Insolvenzplan
rechtskräftig bestätigt wurde oder ob sich das
Unternehmen in Liquidation befindet,
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde,
die die Zuverlässigkeit als Bewerber
in Frage stellt,
Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt ist,
Angabe, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft
angemeldet hat.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Allgemeine Hinweise und Angaben zur
Nachweiserbringung siehe III.2.1).
Als Eigenerklärung vorzulegen:
Angaben z. Umsatz i. d. letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,
Bauleistungen u.a. Leistungen betreffend,
die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss d.
Anteils bei gemeinsam m. anderen
Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind,
Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
jahresdurchschnittlich beschäftigten
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem
technischen Leitungspersonal.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
300_40
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 4.3.2016 - 12:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.6)Bindefrist des Angebots
bis: 7.4.2016
IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 8.3.2016 - 14:00
Ort
Seehafen Kiel GmbH & Co.KG, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Deck 9,
Sitzungsraum Backbord.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Bieter und deren Bevollmächtigte dürfen bei der Angebotsöffnung
anwesend sein.
Die Angebote werden zum Submissionsbeginn geöffnet, die Angebotssummen
werden laut verlesen.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Vergabeunterlagen in elektronischer Form:
Die Vergabeunterlagen werden im Internet unter
[11]www.bi-medien.de/start zur Verfügung gestellt. Zugriff unter
Angabe des bi-Ident-Codes: D423598733. Für bereits registrierte Nutzer
ist der Download kostenfrei. Bei
erstmaliger Nutzung des bi-eVergabeSystems ist eine kostenpflichtige
Registrierung notwendig. Informationen
dazu unter [12]www.bi-medien.de/start.
Der Bieter hat seinem Angebot eine selbst gefertigte Kopie des
Angebotes einschließlich eventueller
Nebenangebote (Zweitausfertigung) beizufügen; die Zweitausfertigung ist
dem Angebot gesondert verschlossen
beizufügen; sie dient als Prüfungsunterlage in Zweifelsfällen.
Wird keine Zweitausfertigung abgegeben, wird das Angebot zwingend von
der Wertung ausgeschlossen (§3
Abs. 4 TTG).
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wissenschaft,
Wirtschaft und Verkehr
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel
DEUTSCHLAND
E-Mail: [13]vergabekammer@wiwi-landsh.de
Telefon: +49 431988-4640
Fax: +49 431988-4702
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1)
§ 101a GWB, Informations- und Wartepflicht: Demnach darf ein Vertrag
erst 15 Kalendertage nach
Absendung der Information an die nicht berücksichtigten Bieter
geschlossen werde. Wird die Information per
Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf
10 Tage.
2) § 107 GWB, Einleitung, Antrag: (3) Der Antrag ist unzulässig,
soweit:
1. der Antragsteller den gerügten
Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht
unverzüglich gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar
sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung genannten
Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in
den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf
der in der Bekanntmachung benannten
Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber
gerügt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge
nicht abhelfen wollen, vergangen
sind.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Die o. g. Vergabeprüfstelle
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27.1.2016
References
6. mailto:jconrad@portofkiel.com?subject=TED
7. http://www.portofkiel.com/
8. http://www.bi-medien.de/start
9. mailto:vu@bi-medien.de?subject=TED
10. http://www.bi-medien.de/start
11. http://www.bi-medien.de/start
12. http://www.bi-medien.de/start
13. mailto:vergabekammer@wiwi-landsh.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen - PL-Warschau
Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen
Dokument Nr...: 34073-2016 (ID: 2016013009193273228)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
PL-Warschau: Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen
2016/S 21/2016 34073
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Kontaktstelle(n): Departament zakupów, bud. C6, pok. 29
Zu Händen von: Katrzyna owczykowska
01-224 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 225894191
E-Mail: [4]przetargi@pgnig.pl, [5]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [6]http://www.pgnig.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
76000000
Beschreibung
Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
12.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:przetargi@pgnig.pl?subject=TED
5. mailto:katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl?subject=TED
6. http://www.pgnig.pl/
OT: 30/01/2016 S21 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
ograniczona
Polska-Warszawa: Usugi przemysu naftowego oraz gazowniczego
2016/S 021-034073
Ogoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe
Usugi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Punkt kontaktowy: Departament zakupów, bud. C6, pok. 29
Osoba do kontaktów: Katrzyna owczykowska
01-224 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225894191
E-mail: [6]przetargi@pgnig.pl, [7]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
Faks: +48 226918921
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiajcego: [8]http://www.pgnig.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce
dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajcy:
Likwidacja Kopanek 84, 85, 86, 87, 88 dla PGNiG SA w Warszawie Oddzia
w Sanoku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Polska, Region Wschodni.
Kod NUTS PL3
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest usuga polegajca na wykonaniu likwidacji
dla potrzeb PGNiG SA Oddzia w Sanoku kopanek oznaczonych nr 84, 85,
86, 87, 88.
Prace musz by realizowane 3 urzdzeniami jednoczenie zgodnie z
podziaem na grupy kopanek, który zostanie okrelony w SIWZ.
Szczegóowy zakres odpowiedzialnoci Wykonawcy i Zamawiajcego, co do
realizacji przedmiotu zamówienia okrelony bdzie w SIWZ, która
zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skadania ofert.
Szczegóowy termin realizacji poszczególnych prac zostanie okrelony w
SIWZ. Planowane prace odbywa si bd w roku I kwarta 2016.
Wykonywane zamówienie podlega przepisom Ustawy z 9.6.2011 Prawo
geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 196) oraz
Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz 21).
Wszystkie prace zwizane z realizacj przedmiotu zamówienia musz by
prowadzone zgodnie decyzj rodowiskow
o ile jest wydana.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
76000000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.1.8)Informacje o czciach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Warto szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraon w zotych
równowarto kwoty 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 75 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiajcy odstpuje
od dania wadium.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
Wynagrodzenie za wykonane prace wypacane bdzie Wykonawcy przelewem na
podstawie faktur prawidowo wystawionych i dostarczonych Zamawiajcemu,
w terminie 21 dni od daty dorczenia wraz z zaczonym Protokoem
Obmiaru Robót podpisanym bez zastrzee przez obie Strony umowy.
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegajcy si wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiaj
penomocnika do reprezentowania ich
w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z
29.1.2004 Prawo zamówie publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustaw Pzp. Wykonawcy
wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia maj obowizek doczy
do wniosku dokument potwierdzajcy ustanowienie penomocnika
(orygina penomocnictwa lub kopi powiadczon za zgodno z
oryginaem przez notariusza naley zaczy do wniosku o dopuszczenie
do udziau w postpowaniu). Penomocnictwo powinno wskazywa
penomocnika i wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj si o
udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy
Zamawiajcy zada przedstawienia umowy regulujcej wspóprac tych
Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: A. W postpowaniu moe wzi udzia Wykonawca, który:
1. Spenia warunki okrelone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczce:
a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiajcy przewiduje moliwo wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczciem
postpowania, w sposób zawiniony powanie naruszy obowizki zawodowe,
w szczególnoci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziaania lub
racego niedbalstwa nie wykona lub nienaleycie wykona zamówienie,
co zamawiajcy bdzie w stanie wykaza za pomoc dowolnych rodków
dowodowych. Zamawiajcy nie wykluczy z postpowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, e podj konkretne rodki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maj zapobiec zawinionemu i
powanemu naruszaniu obowizków zawodowych w przyszoci oraz naprawi
szkody powstae w wyniku naruszenia obowizków zawodowych lub
zobowiza si do ich naprawienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia, aden z Wykonawców nie moe podlega wykluczeniu. Pozostae
warunki musz by spenione cznie przez skadajcych wniosek
o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
B. W celu potwierdzenia spenienia warunków udziau w postpowaniu
Wykonawcy musz zoy nastpujce dokumenty:
1. Owiadczenie o spenianiu warunków udziau w postpowaniu, zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stwierdzajce e:
a) posiada uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
b) posiada wiedz i dowiadczenie;
c) dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej
wykonanie zamówienia. (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w
oparciu o wzór udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
[9]www.przetargi.pgnig.pl zacznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do
udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia naley zoy wspólne owiadczenie podpisane przez
wszystkich wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia lub przez
penomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, albo
odrbne owiadczenia skada kady
z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
Niniejszy dokument naley zoy w oryginale.
2. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (Wskazane
jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony na stronie
internetowej Zamawiajcego: [10]www.przetargi.pgnig.pl zacznik nr 2
do wniosku o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia owiadczenie skada kady z Wykonawców wystpujcych
wspólnie. aden z Wykonawców nie moe podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 Ustawy.
3. Aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono
upadoci. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
4. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawion nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
zamiast ww. dokumentu skada zawiadczenie waciwego organu sdowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania
osoby, której dokumenty dotycz w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je
dokumentem zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem
sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienie dotyczce terminu aktualnoci dokumentu
stosuje si.
Jeeli, w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5-8 ustawy Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczce niekaralnoci tych osób w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
5. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej
ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie
do udziau w postpowaniu.
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajce, e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o
zamówienie. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
6. Aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz
waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce odpowiednio, e Wykonawca nie
zalega z opacaniem podatków oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoeczne, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub
wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu, wystawione
nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu.
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania za granic
zamiast ww. dokumentu skada odpowiedni dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajce, e nie zalega z uiszczeniem podatków, opat, skadek na
ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo, e uzyska przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych
patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego
organu. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si
dokumentów, o których mowa powyej zastpuje si je dokumentem
zawierajcym owiadczenie, w którym okrela si take osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, zoone przed waciwym organem sdowym,
administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie
dotyczce terminu aktualnoci dokumentu stosuje si.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
7. List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitaowej w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informacj, e Wykonawca nie naley
do grupy kapitaowej (Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu
o wzór udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
[11]www.przetargi.pgnig.pl zacznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie
do udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
C. Dodatkowe dokumenty dane przez Zamawiajcego w zwizku z art. 138c
ust.1 pkt 1) ustawy Pzp:
1. Owiadczenie o zachowaniu poufnego charakteru informacji
przekazywanych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia.
(Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony
na stronie internetowej Zamawiajcego: [12]www.przetargi.pgnig.pl
zacznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o
udzielenie zamówienia).
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia dokument skada kady z Wykonawców wystpujcych wspólnie.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Nie dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: I. O udzielenie zamówienia moe ubiega si Wykonawca, który:
1. posiada wiedz i dowiadczenie, tj.:
a) wykona, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych równie
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie: co najmniej 5
usug w zakresie likwidacji kopanek wykonanych dla celów eksploatacji
wglowodorów, obejmujce kada wykonanie korków cementowych,
wypenienie puczk bentonitow lub zaczynem uszczelniajcym.
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadajcymi
uprawnienia wynikajce z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2015 r., poz.196
osoba dozoru wyszego co najmniej 1 osoba na zmianie.
wiertacz zmianowy co najmniej 1 osoba na zmianie.
koordynator ds. HSE Wykonawcy na lokalizacji co najmniej jedna osoba.
Ww. przepisów nie stosuje si do obywateli pastw czonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastw czonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych pastwach, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania
zawodów regulowanych, uznane w trybie okrelonym ustaw z 18.3.2008 o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach
czonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394),
odpowiadajce kwalifikacjom okrelonym w ww. przepisach.
Jzykiem obowizujcym przy realizacji zamówienia bdzie jzyk polski.
3. Dysponuje i bdzie dysponowa w caym okresie wykonywania prac
sprztem umoliwiajcym pen realizacj prac na kilku lokalizacjach w
tym w szczególnoci agregat cementacyjny, posiadajcy wan
dokumentacj eksploatacyjn, zgodn z rozporzdzeniem Ministra
Gospodarki z 25.4.2014 w sprawie szczegóowych wymaga dotyczcych
prowadzenia ruchu zakadów górniczych wydobywajcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812), który gwarantuje pene oraz
terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Stosuje odpowiednie procedury dotyczce bezpiecznego wykonywania
prac bdcych przedmiotem zamówienia, waciwe dla specyfiki brany,
tzn.: posiada wdroony i funkcjonujcy system zarzdzania rodowiskiem,
bezpieczestwem i higien pracy lub system bezpieczestwa ISO/SCC/HSE,
lub równowane standardy
i praktyki w zakresie dotyczcym tego zamówienia oraz bezpiecznie
wykonuje prace zgodnie z obowizujcymi wymaganiami prawnymi.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie niniejszego
zamówienia musz wykaza, e cznie speniaj warunki okrelone w pkt
1., 2., 3.,4 powyej, tzn. powysze wymagania bd uznane za spenione,
gdy spenia je bdzie jeden albo kilku, albo cznie wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moe polega na
wiedzy i dowiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz
potencjale technicznym (tj. urzdzeniach) innych podmiotów niezalenie
od charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu w sposób
jednoznaczny, i bdzie bezwarunkowo dysponowa zasobami niezbdnymi do
realizacji zamówienia, przedstawiajc w tym celu dokumenty okrelone w
pkt II.7. poniej.
Jeeli Wykonawca w celu wykazania spenienia warunku wiedzy i
dowiadczenia polega na zasobach podmiotu trzeciego Zamawiajcy wymaga,
by ten podmiot trzeci uczestniczy w realizacji zamówienia jako
podwykonawca, odpowiednio do zakresu udostpnianych zasobów.
Zamawiajcy nie dopuszcza, by uczestnictwo w realizacji zamówienia
podmiotu trzeciego polegao wycznie na doradztwie i nadzorze,
udostpnieniu know-how, szkoleniach, itp.
II. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spenienia powyszych warunków:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w cigu ostatnich 3 lat przed
upywem terminu skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w
tym okresie, usug wraz z podaniem nazwy lub nr wykonanej likwidacji,
celu eksploatacyjnego, rodzaju wypenienia oraz zakresu wykonanych prac
likwidacyjnych.
Dowodami potwierdzajcymi naleyte wykonanie usug mog by:
a. powiadczenie (np. referencje), z tym e w odniesieniu do nadal
wykonywanych usug powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni
na 3 miesice przed upywem terminu skadania wniosków
o dopuszczenie do udziau w postpowaniu;
b. owiadczenie Wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w lit. a. powyej.
W przypadku, gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz którego usugi
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1. powyej zostay wczeniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkadania ww. dowodów.
Uwaga: z dokumentu musi wynika jednoznacznie, e warunek stawiany w
ogoszeniu zosta speniony przez Wykonawc ubiegajcego si o
udzielenie zamówienia. W przypadku prac wykonywanych na rzecz PGNiG SA.
Wykonawca nie musi przedstawia potwierdzenia, e usugi te zostay
wykonane naleycie.
Wykaz o którym mowa powyej wraz z owiadczeniem Wykonawca
przygotowuje we wasnym zakresie.
2. Wykaz osób okrelonych w pkt. I.2. powyej, które bd uczestniczy
w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr
uprawnie), dowiadczenia
i wyksztacenia, niezbdnych do wykonania zamówienia, ze wskazaniem
podstawy do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: z dokumentu musi wynika jednoznacznie, e warunek stawiany w
ogoszeniu zosta speniony przez Wykonawc ubiegajcego si o
udzielenie zamówienia.
Wykaz o którym mowa powyej wraz z owiadczeniem Wykonawca
przygotowuje we wasnym zakresie.
3. Wykaz sprawnego sprztu okrelonego w pkt. I.3 powyej, min. 3
urzdzeniami jednoczenie, który Wykonawca przeznaczy do realizacji
zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami w
tym szczególnoci 2 agregatów cementacyjnych.
4. Owiadczenie, e odpowiednio oferowany sprzt posiada i bdzie
posiada w caym okresie wykonywania prac wan dokumentacj
eksploatacyjn wydan zgodnie z obowizujcym prawem.
5. Owiadczenie, e w przypadku realizacji prac bdzie dziaa nie
naruszajc zapisów wydanych decyzji
i pozwole, przepisów prawa oraz wymaga Zamawiajcego
6. Kopie certyfikatów wydanych przez niezalene podmioty, które
potwierdzaj zgodno funkcjonujcych u Wykonawcy systemów zarzdzania
z normami jakociowymi, zarzdzaniem rodowiskiem i zarzdzaniem
bezpieczestwem i higien pracy lub owiadczenie potwierdzajce
posiadanie systemu bezpieczestwa HSE (dokumentacj systemu
bezpieczestwa HSE Wykonawca udostpni Zamawiajcemu do weryfikacji na
danie).
7. Jeeli Wykonawca polega bdzie na wiedzy i dowiadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub potencjale technicznym (m.in.
urzdzeniach) innych podmiotów (udostpnienie zasobów), Zamawiajcy
wymaga zoenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu:
a) pisemnego zobowizania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
zawierajcego informacje dotyczce w szczególnoci rodzaju
udostpnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz zakresu i okresu
udziau innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (dokument naley
zoy w oryginale); Zobowizanie to powinno potwierdza przyjcie
przez udostpniajcego solidarnej odpowiedzialnoci z wykonawc za
szkod zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobów,
chyba e za nieudostpnienie zasobów udostpniajcy nie ponosi winy.
Podmiot, który zobowiza si do udostpnienia ww. zasobów, odpowiada
solidarnie z wykonawc za szkod zamawiajcego powsta wskutek
nieudostpnienia tych zasobów, chyba e za nieudostpnienie zasobów nie
ponosi winy.
b) dokumentu lub dokumentów, z których wynika, e osoba lub osoby,
które podpisay pisemne zobowizanie, o którym mowa w ppkt a powyej s
upowanione do reprezentacji podmiotu trzeciego (dokumenty rejestrowe
podmiotu trzeciego potwierdzajce osoby reprezentujce i zasad
reprezentacji (kopie powiadczone za zgodno z oryginaem),
penomocnictwa (jeeli dotyczy) (orygina lub kopie potwierdzone za
zgodno z oryginaem przez notariusza).
Uwaga: w celu oceny, czy Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostp do ich zasobów, Zamawiajcy da, by z pisemnego
zobowizania lub innych dokumentów skadanych wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu wynika:
a) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8. Zamawiajcy dokona oceny speniania warunków udziau w postpowaniu
w oparciu o regu spenia/nie spenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczony
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena brutto. Waga 90
2. Czas realizacji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
ZP/PGNG/16/0037/OS/TWR
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
wyjtkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpatne: nie
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
12.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zasady kwalifikacji do dalszego etapu postpowania (zaproszenia do
skadania ofert)
1. Zamawiajcy po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziau w
przedmiotowym postpowaniu zaprosi do skadania ofert 20 Wykonawców
speniajcych warunki okrelone przez Zamawiajcego. Zamawiajcy dokona
oceny speniania warunków w oparciu o regu spenia / nie spenia.
2. Jeeli liczba Wykonawców, którzy speniaj warunki udziau w
postpowaniu bdzie wiksza ni 20, Zamawiajcy przyzna dodatkowe
punkty zgodnie z opisan niej regu:
za kad dodatkow (ponad wymagan ilo) usug zrealizowan na
zasadach opisanych w Sekcji III 2.3) pkt I.1. ogoszenia , których
prawidowe wykonanie zostao potwierdzone przez Wykonawc w sposób
okrelony
w Sekcji III.2.3) pkt II.1. ogoszenia, przyznany zostanie jeden punkt.
Pierwszych 20 Wykonawców uszeregowanych w kolejnoci od najwikszej do
najmniejszej liczby punktów zostanie zaproszonych do skadania ofert. W
przypadku, kiedy kilku Wykonawców otrzyma tak sam ilo punktów, o
kwalifikacji Wykonawcy bdzie decydowaa najwiksza ilo wykonanych
prac obejmujcych swoim zakresem likwidacje z uyciem ciecz solidur.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu wraz z zacznikami
powinien by podpisany przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i
Wykonawcy, upowanionego/ych do podejmowania zobowiza w jego imieniu,
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniajcym
do wystpowania w obrocie prawnym lub udzielonym penomocnictwem.
Penomocnictwo w formie oryginau lub kopii powiadczonej za zgodno z
oryginaem przez notariusza winno by doczone do wniosku, o ile
umocowanie nie wynika z innych dokumentów zaczonych przez Wykonawc.
3. Wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziau w przedmiotowym
postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego
zacznikiem bd owiadczenia, informacje i wymagane dokumenty,
powinien by zoony w formie pisemnej, a zaczniki uoone w
kolejnoci jak w sekcji III.2.1. III.2.3. ogoszenia zaleca si, aby
wniosek wraz z zacznikami poczony by w jedn cao, a strony
zostay kolejno ponumerowane.
4. Zaleca si przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu (Wskazane jest sporzdzenie wniosku w oparciu o wzór
udostpniony na stronie internetowej Zamawiajcego:
[13]www.przetargi.pgnig.pl Wzór wniosku
o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, zacznik nr 7) wraz z
zacznikami zgodnie ze wzorami zamieszczonymi na stronie Zamawiajcego
[14]www.przetargi.pgnig.pl.
5. Wykonawca moe wraz z wnioskiem zoy ich kopi w wersji
elektronicznej nieedytowaln na noniku danych, przy czym w przypadku
rozbienoci pomidzy oryginaem, a kopi elektroniczn za wic
przyjmuje si tre oryginau.
6. Wszystkie dokumenty maj by zoone w formie oryginau lub kopii
powiadczonej za zgodno z oryginaem przez Wykonawc (w przypadku
dokumentów, które musz by zoone w oryginale informacja ta wynika
wprost z treci niniejszego ogoszenia o zamówieniu). W przypadku
dokumentów dotyczcych poszczególnych Wykonawców wystpujcych wspólnie
oraz dokumentów dotyczcych podmiotów trzecich udostpniajcych
Wykonawcy zasoby ich kopie mog by potwierdzone za zgodno z
oryginaem przez naleycie umocowanych przedstawicieli tych podmiotów,
albo przez przedstawicieli Wykonawcy / Wykonawców wystpujcych
wspólnie (Zamawiajcy uznaje za waciwe obie ww. formy).
7. Zamawiajcy nie wyraa zgody na skadanie wniosków o dopuszczenie do
udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia, owiadcze, informacji
oraz innych dokumentów w jzyku innym ni jzyk polski. W przypadku
zaczonych do wniosku dokumentów sporzdzonych w jzyku obcym,
Wykonawca zobowizany jest zoy niniejsze dokumenty wraz z
tumaczeniem na jzyk polski. Podpis pod dokumentami powinien
umoliwia zidentyfikowanie osoby podpisujcej.
8. Opakowanie z wnioskiem powinno by zabezpieczone przed przypadkowym
otwarciem. Na opakowaniu naley umieci adres Zamawiajcego zgodnie z
Sekcj I.1) ogoszenia i adres Wykonawcy, pod który naley zwróci
wniosek w przypadku jego wpynicia do Zamawiajcego po terminie
skadania wniosków oraz adnotacj: Wniosek o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu publicznym pn. Likwidacja Kopanek 84, 85, 86, 87, 88 dla
PGNiG SA w Warszawie Oddzia w Sanoku, znak sprawy:
ZP/PGNG/16/0037/OS/TWR.
9. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp korespondencja pomidzy
Zamawiajcym i Wykonawcami bdzie przekazywana faksem na numer: +48
226918921 lub drog elektroniczn na adres:
[15]katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl Kada ze Stron na danie drugiej
Strony niezwocznie potwierdza fakt otrzymania przekazanych faksem lub
drog elektroniczn owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji i
dokumentów. Forma pisemna, z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w
ustawie Pzp jest zawsze dopuszczalna.
10. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowice tajemnic
przedsibiorstwa. Dla skutecznoci dokonanego zastrzeenia naley
informacje takie zawrze odrbnie od informacji jawnych tak, aby
Zamawiajcy od dnia poinformowania Wykonawców o wynikach oceny
spenienia warunków udziau w postpowaniu móg udostpnia do wgldu
cz wniosku, która jest jawna, bez ujawniania treci stanowicych
tajemnic przedsibiorstwa. Wskazane jest zatem umieszczenie takich
informacji w odrbnej kopercie, za owiadczenie Wykonawcy
(Wskazane jest sporzdzenie owiadczenia w oparciu o wzór udostpniony
na stronie internetowej Zamawiajcego: [16]www.przetargi.pgnig.pl
Zacznik nr 8 do wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o
udzielenie zamówienia) powinno znale si w czci jawnej wniosku. Nie
zaczenie przez Wykonawc owiadczenia zostanie uznane jako brak woli
utajnienia jakichkolwiek danych skadajcych si na wniosek o
dopuszczenie do udziau
w postpowaniu. Zamawiajcy wymaga aby wykonawca zastrzegajcy cz
wniosku o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu jako tajemnic przedsibiorstwa wykaza nie póniej ni
w terminie skadania wniosków, i zastrzeone informacje stanowi
tajemnic przedsibiorstwa.
11. Zamawiajcy uzna informacje zastrzeone przez Wykonawc za
tajemnic przedsibiorstwa zgodnie z kryteriami okrelonym w art. 11
ust. 4 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pón. zm.), o ile
Wykonawca nie póniej ni w terminie skadania wniosków, wykae e:
zastrzeone informacje stanowi informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsibiorstwa lub inne nieujawnione do wiadomoci
publicznej;
zastrzeone informacje posiadaj warto gospodarcz;
opisze jakie podj dziaania niezbdne do zachowania poufnoci
zastrzeonych informacji.
12. Zamawiajcy w przedmiotowym postpowaniu nie zastosowa dialogu
technicznego.
Zamawiajcy informuje, e bdzie wymaga, aby Wykonawca, z którym
zostanie podpisana umowa posiada przez cay czas realizacji prac
aktualn polis ubezpieczeniow od odpowiedzialnoci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na sum ubezpieczenia
nie mniejsz ni warto zawartej umowy.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [17]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [18]www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Odwoanie
wobec treci ogoszenia o zamówieniu wnosi si w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej, do
Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomoc
wanego, kwalifikowanego certyfikatu.
Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem terminu
do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego
treci przed upywem tego terminu.
Pozostae regulacje dotyczce rodków ochrony prawnej zawiera dzia VI
ustawy Pzp.
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [19]uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [20]www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
28.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installateurarbeiten - NO-Bodø
Installateurarbeiten
Neuverlegung von Rohrleitungen
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Verrohrung von Bohrlöchern
Dokument Nr...: 34173-2016 (ID: 2016013009204173333)
Veröffentlicht: 30.01.2016
*
NO-Bodø: Installateurarbeiten
2016/S 21/2016 34173
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bodø kommune [Bodø municipality]
972418013
Kongens gate 23, Postboks 319
Zu Händen von: Joachim Hjartøy
8001 Bodø
NORWEGEN
Telefon: +46 75593609
E-Mail: [4]joachim.hjartoy@bodo.kommune.no
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
GHT
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
GHT
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45330000, 45231113, 45332000, 76480000
Beschreibung
Installateurarbeiten.
Neuverlegung von Rohrleitungen.
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen.
Verrohrung von Bohrlöchern.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
9.3.2016 - 14:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Sonstige: Norwegian.
References
4. mailto:joachim.hjartoy@bodo.kommune.no?subject=TED
5. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
6. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLIGHT
7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLIGHT
OT: 30/01/2016 S21 - - Services - Contract notice - Open procedure
Norway-Bodø: Plumbing and sanitary works
2016/S 021-034173
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Bodø kommune [Bodø municipality]
972418013
Kongens gate 23, Postboks 319
For the attention of: Joachim Hjartøy
8001 Bodø
NORWAY
Telephone: +46 75593609
E-mail: [6]joachim.hjartoy@bodo.kommune.no
Internet address(es):
Address of the buyer profile:
[7]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/250845
Electronic access to information:
[8]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
GHT
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158480&B=KGVLI
GHT
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Plumbing services including material.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 1: Maintenance and repair services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Postboks 319.
NUTS code NO071
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in years: 4
Estimated total value of purchases for the entire duration of the
framework agreement
Estimated value excluding VAT: 19 200 000 NOK
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Samordnet Innkjøp I Salten (SIIS) including Sortland and Værøy
municipalities invites tenderers to an open tender contest above the
EEA threshold for a 2 year framework agreement for plumbing services
including material, with a unilateral option for 1 + 1 year. Major
projects, for example, construction projects such as new buildings,
major alterations/renovations for more than 500 000 NOK can be
announced as separate open tender contests.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
45330000, 45231113, 45332000, 76480000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
2 year framework agreement for plumbing services including material
with a unilateral option for 1 + 1 year.
Major projects, for example, construction projects such as new
buildings, major alterations/renovations for more than 500 000 NOK can
be announced as separate open tender contests.
Estimated value excluding VAT: 19 200 000 NOK
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: 2 year framework agreement with a
unilateral option for 1 + 1 years.
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
See the tender documentation.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
See the tender documentation.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: See the tender documentation.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: See the tender documentation.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
See the tender documentation.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated below
1. Hourly rate. Weighting 50
2. Price plumbing material. Weighting 25
3. Response time. Weighting 25
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
2016/632
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.3.2016 - 14:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Other: Norwegian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 9.3.2016 - 14:30
Place:
Dronningens gate 36For the attention of: Joachim Hjartøy
8001 Bodø
NORWAY
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Diverse Spezialbauarbeiten - SE-Söderhamn
Diverse Spezialbauarbeiten
Dokument Nr...: 3473-2016 (ID: 2016010709013740891)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
SE-Söderhamn: Diverse Spezialbauarbeiten
2016/S 4/2016 3473
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Inköp Gävleborg
Vänligen se vår hemsida
Zu Händen von: Fredrik Andersson
SE-826 80 Söderhamn
SCHWEDEN
Telefon: +46 104713020
E-Mail: [4]fredrik.andersson@inkopgavleborg.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.inkopgavleborg.se
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
px?ProcurementId=4320
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Helsinge Vatten
Bornvägen 2 B
Zu Händen von: Ylva Lindberg
SE-822 30 Alfta
SCHWEDEN
E-Mail: [7]ylva.j.lindberg@helsingevatten.se
Internet-Adresse:
[8]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
px?ProcurementId=4320
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45262600
Beschreibung
Diverse Spezialbauarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 16.2.2016
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
25.2.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:fredrik.andersson@inkopgavleborg.se?subject=TED
5. http://www.inkopgavleborg.se/
6. https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4320
7. mailto:ylva.j.lindberg@helsingevatten.se?subject=TED
8. https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4320
OT: 07/01/2016 S4 - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling -
Öppet förfarande
Sverige-Söderhamn: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
2016/S 004-003473
Meddelande om upphandling
Byggentreprenader
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Inköp Gävleborg
Vänligen se vår hemsida
Att: Fredrik Andersson
SE-826 80 Söderhamn
SVERIGE
Telefon: +46 104713020
E-post: [6]fredrik.andersson@inkopgavleborg.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: [7]http://www.inkopgavleborg.se
Upphandlarprofil:
[8]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.as
px?ProcurementId=4320
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Helsinge Vatten
Bornvägen 2 B
Att: Ylva Lindberg
SE-822 30 Alfta
SVERIGE
E-post: [9]ylva.j.lindberg@helsingevatten.se
Internetadress:
[10]https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.a
spx?ProcurementId=4320
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
kontaktpunkt(er)
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Annan: Inköp Gävleborg
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ombyggnation Häggesta reningsverk, Etapp 2.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Byggentreprenader
Utförande
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Bollnäs.
NUTS-kod SE313
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Helsinge Vatten planerar en ombyggnad av Häggesta reningsverk i Bollnäs
i 2 etapper. Detta är etapp 2.
Samtliga handlingar, inklusive anbudsformulär samt utvärderingsmall,
finns att hämta på USB-sticka hos Helsinge Vatten, Bornvägen 2 B, Alfta
alternativt kontakta Helsinge Vatten via telefon 0271-57450 så skickar
de en USB-sticka till er.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45262600
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
5986
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till
handlingar: 16.2.2016
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
25.2.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2.8.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och
öppningsförfarande: Enligt önskemål från anbudslämnare.
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Visma Commerce-annons: [11]http://www.opic.com/notice.asp?req=divdprrw
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schwimmbagger- und Pumparbeiten - FR-Deauville
Schwimmbagger- und Pumparbeiten
Dokument Nr...: 3573-2016 (ID: 2016010709022340991)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
FR-Deauville: Schwimmbagger- und Pumparbeiten
2016/S 4/2016 3573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Deauville
20 rue Robert Fossorier, BP 31600
Zu Händen von: M. le maire
14800 Deauville
FRANKREICH
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45252124
Beschreibung
Schwimmbagger- und Pumparbeiten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
EMCC
76700
Rogerville
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 854 780 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
OT: 07/01/2016 S4 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Deauville: Travaux de dragage et de pompage
2016/S 004-003573
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Deauville
20 rue Robert Fossorier, BP 31600
À l'attention de: M. le maire
14800 Deauville
FRANCE
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45252124
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 70
2. Valeur technique. Pondération 30
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [6]2015/S 122-221871 du 27.6.2015
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Campagne de dragage 2015 port départemental de Deauville
V.1)Date d'attribution du marché:
22.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
EMCC
76700
Rogerville
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 854 780 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-95760, mise en ligne le 23.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gelenklastwagen - SE-Storfors
Gelenklastwagen
Kraftfahrzeuge
Pritschen- und Kipplastwagen
Schwerlastfahrzeuge
Dokument Nr...: 3673-2016 (ID: 2016010709031441093)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
SE-Storfors: Gelenklastwagen
2016/S 4/2016 3673
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Storfors kommun
Box 1001
Zu Händen von: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SCHWEDEN
E-Mail: [4]riitta.suomela@storfors.se
Weitere Auskünfte erteilen: Storfors kommun
Box 1001
Zu Händen von: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SCHWEDEN
E-Mail: [5]riitta.suomela@storfors.se
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Storfors kommun
Box 1001
Zu Händen von: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SCHWEDEN
E-Mail: [6]riitta.suomela@storfors.se
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Storfors kommun
Box 1001
Zu Händen von: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SCHWEDEN
E-Mail: [7]riitta.suomela@storfors.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34133000, 34100000, 34134000, 34140000
Beschreibung
Gelenklastwagen.
Kraftfahrzeuge.
Pritschen- und Kipplastwagen.
Schwerlastfahrzeuge.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
31.1.2016
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
5. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
6. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
7. mailto:riitta.suomela@storfors.se?subject=TED
OT: 07/01/2016 S4 - - Varor - Meddelande om upphandling - Förhandlat
förfarande
Sverige-Storfors: Ledade lastbilar
2016/S 004-003673
Meddelande om upphandling
Varor
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Storfors kommun
Box 1001
Att: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SVERIGE
E-post: [6]riitta.suomela@storfors.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Storfors kommun
Box 1001
Att: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SVERIGE
E-post: [7]riitta.suomela@storfors.se
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Storfors kommun
Box 1001
Att: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SVERIGE
E-post: [8]riitta.suomela@storfors.se
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Storfors kommun
Box 1001
Att: Riitta Suomela
SE-688 29 Storfors
SVERIGE
E-post: [9]riitta.suomela@storfors.se
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Miljö
Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvård
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Social trygghet
Fritidsverksamhet, kultur och religion
Utbildning
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Fabriksny lastbil.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Varor
En kombination av ovanstående
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Storfors.
NUTS-kod SE311
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Köp/leasing av fabriksny lastbil.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
34133000, 34100000, 34134000, 34140000
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
16/1
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
31.1.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=diqxtlcl
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen - PL-Olsztyn
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
Dokument Nr...: 373-2016 (ID: 2016010209290237665)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
PL-Olsztyn: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
2016/S 1/2016 373
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie
ul. Tuwima 10
Kontaktstelle(n): Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie, 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 5
Zu Händen von: Beata Abramska
10-748 Olsztyn
POLEN
Telefon: +48 895393169
E-Mail: [4]b.abramskal@pan.olsztyn.pl
Fax: +48 895393147
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.pan.olsztyn.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
38500000
Beschreibung
Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 20 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Tomasz Kamiski prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 16 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 20 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:b.abramskal@pan.olsztyn.pl?subject=TED
5. http://www.pan.olsztyn.pl/
OT: 02/01/2016 S1 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Olsztyn: Aparatura kontrolna i badawcza
2016/S 001-000373
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci PAN w Olsztynie
ul. Tuwima 10
Punkt kontaktowy: Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada ywnoci Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie, 10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 5
Osoba do kontaktów: Beata Abramska
10-748 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895393169
E-mail: [6]b.abramskal@pan.olsztyn.pl
Faks: +48 895393147
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://www.pan.olsztyn.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: pastwowa jednostka naukowa
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: badania naukowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa specjalistycznego sprztu i aparatury do prowadzenia bada i
grantów wewntrznych VIII.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Instytut Rozrodu Zwierzt i Bada
ywnoci Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748
Olsztyn.
Kod NUTS PL622
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Jest to zamówienia udzielane w czciach, którego czna warto wg
planu na przekracza 134000,00 euro
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako sprzeda wraz z
dostaw) specjalistycznej aparatury do prowadzenia bada i grantów
wewntrznych, do siedziby Zamawiajcego, tj. Instytutu Rozrodu Zwierzt
i Bada ywnoci w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, do pomieszcze
wskazanych przez Zamawiajcego, transportem Wykonawcy i na koszt
Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie zosta podzielony na Czci.
3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki
techniczno eksploatacyjne) zawiera zacznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca, moe zaoferowa aparatur o parametrach wyszych lub
rozwizaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla
rodowiska. Udowodnienie rozwizania równowanego lub lepszego ley po
stronie Wykonawcy i musi mie odzwierciedlenie w zaczonych do oferty
materiaach producenta.
Wymagania dotyczce przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca bdzie zobowizany do dostawy aparatury bezporednio do
pomieszcze w siedzibie Zamawiajcego, wskazanych w umowie.
2. Wykonawca, w ramach zawartej umowy, bdzie zobowizany do dostawy i
montau aparatury oraz przeszkolenia pracowników Zamawiajcego w
zakresie obsugi i konserwacji oferowanej aparatury. Szkolenie odbdzie
si w dniu dostawy lub innym terminie uzgodnionym pomidzy Zamawiajcym
a Wykonawc.
3. Aparatura powinny by produktem wysokiej jakoci, musi by
fabrycznie nowa, wolna od wad materiaowych i prawnych.
4. Aparatura musi by oznakowana w taki sposób, aby moliwa bya
identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
5. Oferowana aparatura musi pochodzi z oficjalnego kanau dystrybucji
zgodnie z wymaganiami producentów.
6. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamówienia z
naleyt starannoci, zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami
prawa, zasadami wspóczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
7. Wraz z aparatur Wykonawca dostarczy instrukcj obsugi w jzyku
polskim i jzyku angielskim.
8. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiajcego, aparatura powinna by
gotowa do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich
skadowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w
zaczniku nr 1 specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla
zapewnienia prawidowej pracy aparatury konieczne byo instalowanie
dodatkowych elementów (urzdze), oprogramowania, w póniejszym czasie,
szczególnie za dodatkow opat.
9. Gwarancja min. 12 miesicy od daty dostawy.
10. Serwis gwarancyjny powinien by prowadzony przez serwis Wykonawcy
autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanej aparatury, Zamawiajcy
dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzysta z pomocy
producenta oferowanej aparatury lub jego przedstawiciela, prowadzcego
serwis techniczny w wymaganym zakresie. Kada autoryzacja dla serwisu
Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego
przedstawiciela musi mie form owiadczenia producenta lub jego
przedstawiciela.
11. W okresie obowizywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpatny
serwis aparatury.
12. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu aparatury obowizywa
bd warunki gwarancji i serwisu, wynikajce ze zoonej oferty.
13. Transport aparatury do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i
z powrotem w okresie gwarancji odbywa si bdzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
14. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odstpienia od umowy ze wzgldu
na wad fizyczn lub prawn dostarczonej aparatury.
15. Dostarczona aparatura musi by dostosowana do uytkowania z
wykorzystaniem napicia sieciowego w Polsce (230 V/50 Hz).
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
38500000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 20 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 30
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
ZP-PNU/D/2015/10/164
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 199-360875 z dnia 14.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Tomasz Kamiski prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 16 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 20 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Na ofert skadaj si:
a) formularze: specyfikacji zacznik nr 1, oferty zacznik nr 2,
b) dokumenty wymienione w rozdziale III.2 dot. warunków udziau,
c) wypenione zaczniki nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ
d) prospekt lub foldery lub instrukcja obsugi producenta(w j. polskim,
dokumenty w jzykach obcych musz by przetumaczone na j. polski)
potwierdzajce, e oferowany aparat odpowiada wymaganiom okrelonym
przez Zamawiajcego. Dostarczone materiay musz potwierdza parametry
okrelone w specyfikacji zacznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty naley
oznaczy w taki sposób aby jasno wynikao jakiego parametru dotycz i
potwierdzaj.
e) penomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie, o ile ofert skada penomocnik.
Informacje dotyczce umowy:
1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawc, stanowi
zacznik nr 7 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiajcy dopuszcza moliwo
dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treci oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiajcy, przewiduje równie nastpujce moliwoci dokonania
istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystpienia co
najmniej jednej z okolicznoci wymienionych poniej, z uwzgldnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
ze wzgldu na wystpienie okolicznoci niedajcych si przewidzie
przed zawarciem umowy, np. dziaanie siy wyszej, uniemoliwiajcej
dostaw w okrelonym pierwotnie terminie;
Wyej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie
powodujcym zwikszenia Wynagrodzenia okrelonego w niniejszej umowie
oraz tylko o czas dziaania siy wyszej oraz potrzebny do usunicia
skutków tego dziaania.
realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z
urzdów administracji pastwowej (np. urzdu celnego), a z przyczyn
niezalenych od Stron niemoliwe byo uzyskanie tych dokumentów w
terminach przewidzianych w przepisach prawa.
Wyej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu
przez Wykonawc stosowanego dokumentu z urzdu. W takim przypadku
strony ustal nowy termin realizacji zamówienia.
2) dla zmiany sposobu spenienia wiadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególnoci:
niedostpno na rynku sprztu wskazanego w dokumentacji przetargowej
spowodowan zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku sprztu.
Zaoferowany sprzt nie moe mie parametrów gorszych ni okrelone w
specyfikacji zacznik nr 1. Wykonawca zobowizany jest dostarczy:
owiadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji sprztu
zaoferowanego; wypenion specyfikacj na nowy sprzt (zacznik nr 1)
wraz z materiaami producenta powiadczajcymi spenienie wymaganych
parametrów.;
pojawieniem si na rynku urzdzenia nowszej generacji (bd w nowszej
technologii) pozwalajcego na zaoszczdzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany
sprzt nie moe mie parametrów gorszych ni okrelono w specyfikacji
zacznik nr 1. Wykonawca zobowizany jest dostarczy: owiadczenie od
producenta o rozpoczciu i prowadzeniu produkcji urzdze nowej
generacji lub nowej technologii; wypenion specyfikacj na nowy sprzt
(zacznik nr 1) wraz z materiaami producenta powiadczajcymi
spenienie wymaganych parametrów.;
zmian umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej,
które wynikn w okresie realizacji umowy i nie byy moliwe do
przewidzenia przez adn ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie
spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objtoci lub
gramatury towaru).
3) dla pozostaych zmian:
zmiana sposobu dokonywania patnoci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajcego umowy o dofinansowanie
projektu-grantu lub wytycznych dotyczcych realizacji projektu-grantu;
4) nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp, w
szczególnoci:
a) zmiana danych zwizanych z obsug administracyjno-organizacyjn
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów
potwierdzajcych uregulowanie patnoci wobec podwykonawców);
b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów
midzy stronami.
4. Wszelkie powysze postanowienia stanowi katalog zmian, na które
Zamawiajcy moe wyrazi zgod. Nie stanowi jednoczenie zobowizania
Zamawiajcego do wyraenia takiej zgody. W przypadku kadej zmiany o
której mowa powyej po stronie wnoszcego propozycj zmian ley
udokumentowanie powstaej okolicznoci. Powysze zmiany do umowy winny
by wprowadzone poprzez zmian do umowy w formie aneksu.
5. Zmiany wymienione w pkt 4) nie wymagaj aneksu. Strony skadaj
wnioski o koniecznoci wprowadzenia nie istotnej zmiany do umowy wraz z
opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny zacznik do umowy, a
jego tre zastpuje pierwotnie zawart umow tylko w zmienionych
punktach.
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.p
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Odwoanie
przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
Zamawiajcego podjtej w Postpowaniu o udzieleniu zamówienia lub
zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
podstawie ustawy (art. 180 ust 1 ustawy Prawo zamówie publicznych).
2. Przed upywem terminu do skadania ofert w przypadku naruszenia
przez Zamawiajcego przepisów ustawy rodki ochrony prawnej przysuguj
równie organizacjom zrzeszajcym Wykonawców wpisanym na list
organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej,
prowadzon przez prezesa UZP.
3. Odwoanie powinno wskazywa czynnoci lub zaniechanie czynnoci
Zamawiajcego, której zarzuca niezgodno z przepisami ustawy, zawiera
zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz wskazywa
okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwoania.
4. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w terminie
10 dni od dnia przesania informacji stanowicej podstaw wniesienia
odwoania jeeli zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust.
2, jednoczenie przekazujc kopi treci odwoania Zamawiajcemu lub w
cigu 15 dni jeeli zostay przesane w sposób inny.
5. Na tre ogoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
odwoanie wnosi si w cigu 10 dni od dnia publikacji w dzienniku
Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniu publikacji Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwoanie wnosi si w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego
kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwoujcy przesya kopi odwoania Zamawiajcemu przed upywem
terminu do wniesienia odwoania w taki sposób, aby móg on zapozna si
z jego treci przed upywem tego terminu za pomoc jednego ze sposobów
okrelonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. (art. 180 ust 5 ustawy Pzp).
8. Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwoania
poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci
podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on
zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysuguje odwoanie.
9. rodki ochrony prawnej okrelone zostay w dziale VI ustawy z
29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pón. zm.).
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.p
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Ausrüstung für Anästhesie - SE-Kristianstad
Ausrüstung für Anästhesie
Medizinische Geräte
Anästhesieinstrumente
Dokument Nr...: 3773-2016 (ID: 2016010709043641198)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
SE-Kristianstad: Ausrüstung für Anästhesie
2016/S 4/2016 3773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Region Skåne, Koncerninköp
Zu Händen von: Marc Wallgren
SE-291 89 Kristianstad
SCHWEDEN
E-Mail: [4]marc.wallgren@skane.se
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33172100, 33100000, 33171100
Beschreibung
Ausrüstung für Anästhesie.
Medizinische Geräte.
Anästhesieinstrumente.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Intersurgical AB
Gävlegatan 18 B
SE-113 30 Stockholm
SCHWEDEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
MedCore Sweden AB
Box 6065
SE-164 06 Kista
SCHWEDEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Mediq Sverige AB
Box 10302
SE-434 24 Kungsbacka
SCHWEDEN
Internet-Adresse: [5]www.mediqsverige.se
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
IM-Medico Svenska Aktiebolag
c/o Medico Svenska AB, Box 20013
SE-161 02 Bromma
SCHWEDEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Meda Aktiebolag
Pipers väg 2, Box 906
SE-170 09 Solna
SCHWEDEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
SE-164 22 Kista
SCHWEDEN
E-Mail: [6]info.sweden@smiths-medical.com
Internet-Adresse: smiths-medical.com
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:marc.wallgren@skane.se?subject=TED
5. http://www.mediqsverige.se/
6. mailto:info.sweden@smiths-medical.com?subject=TED
OT: 07/01/2016 S4 - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet
förfarande
Sverige-Kristianstad: Anestesiutrustning
2016/S 004-003773
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Varor
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Region Skåne, Koncerninköp
Att: Marc Wallgren
SE-291 89 Kristianstad
SVERIGE
E-post: [6]marc.wallgren@skane.se
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Hälso- och sjukvård
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Anestesi del 2.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Skåne län.
NUTS-kod SE224
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tidigare upphandling Anestesi del 1 på dnr 1402548.
Denna upphandling innehåller de positioner som avbrutits på grund av
bristande konkurrens och att inkomna anbud inte uppfyller samtliga
ställda krav.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
33172100, 33100000, 33171100
II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
1502555
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
Meddelande om upphandling
Meddelandenummer i EUT: [7]2015/S 180-326483 av den 17.9.2015
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1 Benämning: Intersurgical AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Intersurgical AB
Gävlegatan 18 B
SE-113 30 Stockholm
SVERIGE
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Benämning: MedCore Sweden AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
MedCore Sweden AB
Box 6065
SE-164 06 Kista
SVERIGE
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Benämning: Mediq Sverige AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Mediq Sverige AB
Box 10302
SE-434 24 Kungsbacka
SVERIGE
Internetadress: [8]www.mediqsverige.se
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 4 Benämning: IM-Medico Svenska Aktiebolag
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
IM-Medico Svenska Aktiebolag
c/o Medico Svenska AB, Box 20013
SE-161 02 Bromma
SVERIGE
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 5 Benämning: Meda Aktiebolag
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Meda Aktiebolag
Pipers väg 2, Box 906
SE-170 09 Solna
SVERIGE
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 6 Benämning: Smiths Medical Sverige AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.11.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 11
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om
tilldelning av kontrakt gäller
Smiths Medical Sverige AB
Box 1143
SE-164 22 Kista
SVERIGE
E-post: [9]info.sweden@smiths-medical.com
Internetadress: smiths-medical.com
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
Visma TendSign-annons: [10]http://www.opic.com/notice.asp?req=dinsdbqw
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rauchmelder - FR-Paris
Rauchmelder
Dokument Nr...: 3873-2016 (ID: 2016010709055641309)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
FR-Paris: Rauchmelder
2016/S 4/2016 3873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ADOMA
42 rue Cambronne
Zu Händen von: Mme Kiwan Carmen
75740 Paris Cedex 15
FRANKREICH
Telefon: +33 140614360
E-Mail: [4]carmen.kiwan@adoma.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.adoma.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
38431200
Beschreibung
Rauchmelder.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 201529 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
REXEL France SAS
13 boulevard du Fort de Vaux, CS 60002
75838 Paris Cedex 17
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:carmen.kiwan@adoma.fr?subject=TED
5. http://www.adoma.fr/
6. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
OT: 07/01/2016 S4 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Paris: Détecteurs de fumée
2016/S 004-003873
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
ADOMA
42 rue Cambronne
À l'attention de: Mme Kiwan Carmen
75740 Paris Cedex 15
FRANCE
Téléphone: +33 140614360
E-mail: [6]carmen.kiwan@adoma.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.adoma.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3)Activité principale
Autre: Logement social
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture et la livraison de détecteurs avertisseurs autonomes de
fumée (DAAF).
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture et la livraison de détecteurs avertisseurs autonomes de
fumée (DAAF).
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
38431200
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 80
2. Support de présentation des produits. Pondération 10
3. Mémoire sur la reprise des produits usagés. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
NAT2015_29
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 185-335585 du 24.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 201529 Lot nº: 1 - Intitulé: Fourniture et la livraison de
détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
V.1)Date d'attribution du marché:
16.12.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
REXEL France SAS
13 boulevard du Fort de Vaux, CS 60002
75838 Paris Cedex 17
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce nº 15-143797, mise en ligne le 21.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance
4 boulevard du Palais
75004 Paris
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
ADOMA, direction juridique
42 rue Cambronne
75740 Paris Cedex 15
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - UK-Birkenhead
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 3973-2016 (ID: 2016010709071341407)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
UK-Birkenhead: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
2016/S 4/2016 3973
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1516062000
E-Mail: [4]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.wirral.gov.uk/
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://www.the-chest.org.uk/
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://www.the-chest.org.uk/
Weitere Auskünfte erteilen: Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1516062000
E-Mail: [8]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1516062000
E-Mail: [9]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Wirral Borough
Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Kontaktstelle(n): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1516062000
E-Mail: [10]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15000000
Beschreibung
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 5.2.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
5. http://www.wirral.gov.uk/
6. https://www.the-chest.org.uk/
7. https://www.the-chest.org.uk/
8. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
9. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
10. mailto:joesephton@wirral.gov.uk?subject=TED
OT: 07/01/2016 S4 - - Services - Contract notice - Open procedure
United Kingdom-Birkenhead: Food, beverages, tobacco and related
products
2016/S 004-003973
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Contact point(s): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1516062000
E-mail: [6]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.wirral.gov.uk/
Electronic access to information: [8]https://www.the-chest.org.uk/
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[9]https://www.the-chest.org.uk/
Further information can be obtained from: Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Contact point(s): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1516062000
E-mail: [10]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: Wirral Borough Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Contact point(s): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1516062000
E-mail: [11]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
Tenders or requests to participate must be sent to: Wirral Borough
Council
Old Market House, 4th Floor, West Wing, Hamilton Street
Contact point(s): Corporate Procurement
CH41 5AL Birkenhead
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1516062000
E-mail: [12]joesephton@wirral.gov.uk
Fax: +44 1516663705
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Corporate Vending 2016.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
NUTS code UKD54
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Wirral Council are responsible for the management of all its assets
across the Borough including 8 leisure centres, providing a range of
sports and leisure facilities to the residents and visitors to the
Borough. Within those centres we offer a comprehensive vending service.
The Council would qualify the term Corporate as Office Facilities
(including Administrative, Enquiry, Education centres, Community
centres, Libraries, Industrial units and any other such buildings the
Council have an active interest or participation in managing /
supporting.
Consideration is now being given to re-evaluate the service and
proposals are being invited from suitably experienced vending companies
to manage the contract of supplying and operating the Vending Machine
Service.
It is anticipated that the successful company will provide a fully
managed vending operation to all sites, on a commission only basis.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
15000000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.1.8)Lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Wirral Council are responsible for the management of all its assets
across the Borough including 8 leisure centres, providing a range of
sports and leisure facilities to the residents and visitors to the
Borough. Within those centres we offer a comprehensive vending service.
The Council would qualify the term Corporate as Office Facilities
(including Administrative, Enquiry, Education centres, Community
centres, Libraries, Industrial units and any other such buildings the
Council have an active interest or participation in managing /
supporting.
Consideration is now being given to re-evaluate the service and
proposals are being invited from suitably experienced vending companies
to manage the contract of supplying and operating the Vending Machine
Service.
It is anticipated that the successful company will provide a fully
managed vending operation to all sites, on a commission only basis.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 0 and 200 000 GBP
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated
timeframe for subsequent contracts:
in days: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
See tender documents for further information.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
See tender documents for further information.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of
solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
DN108059
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 5.2.2016 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
5.2.2016
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 5.2.2016 - 12:00
Place: Wirral Council- Legal Department
Wallasey Town Hall, Brighton Street
CH44 8ED Wallasey
UNITED KINGDOM
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure:
Wirral Council- Legal Verifiers.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
Royal Courts of Justice
Strand
WC2A 2LL London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2079476000
Body responsible for mediation procedures
Royal Courts of Justice
Strand
WC2A 2LL London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2079476000
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Appeals will be
managed via [13]www.the-chest.org.uk
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft - PL-Midzychód
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
Dokument Nr...: 4073-2016 (ID: 2016010709083541503)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
PL-Midzychód: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
2016/S 4/2016 4073
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Skarb Pastwa PGL Lasy Pastwowe Nadlenictwo Midzychód
Przedlesie 12
Zu Händen von: Lech Jankowiak
64-400 Midzychód
POLEN
Telefon: +48 957482091
E-Mail: [4]miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957482091
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]www.szczecin.lasy.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77200000
Beschreibung
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
27.1.2016 - 09:30
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Polnisch.
References
4. mailto:miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl?subject=TED
5. http://www.szczecin.lasy.gov.pl/
OT: 07/01/2016 S4 - - Usugi - Ogoszenie o zamówieniu - Procedura
otwarta
Polska-Midzychód: Usugi lenictwa
2016/S 004-004073
Ogoszenie o zamówieniu
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Skarb Pastwa PGL Lasy Pastwowe Nadlenictwo Midzychód
Przedlesie 12
Osoba do kontaktów: Lech Jankowiak
64-400 Midzychód
POLSKA
Tel.: +48 957482091
E-mail: [6]miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 957482091
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.szczecin.lasy.gov.pl
Wicej informacji mona uzyska pod adresem: Powyszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczce dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) mona uzyska pod
adresem: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley
przesya na adres: Powyszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: pastwowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci
prawnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Inny: gospodarka lena
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj zamawiajc:
Wykonywanie usug lenych na szkóce lenej w Nadlenictwie Midzychód.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kategoria usug: nr 27: Inne usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Szkóka lena w Kaplinie Nadlenictwo
Midzychód.
Kod NUTS PL418
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia s usugi z zakresu gospodarki lenej zgodnie z
okreleniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst
jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z pón. zm.) obejmujce prace z
zakresu szkókarstwa i nasiennictwa oraz zagospodarowania lasu do
wykonania na terenie Nadlenictwa Midzychód w roku 2016.
II.1.6)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
77200000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.1.8)Czci
To zamówienie podzielone jest na czci: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si skadanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielko lub zakres zamówienia
II.2.1)Cakowita wielko lub zakres:
Wykonywanie prac z zakresu szkókarstwa, nasiennictwa i
zagospodarowania lasu. czna pracochonno 9541.46 (normogodziny
katalogowe nh i godziny zegarowe h).
Szacunkowa warto bez VAT: 316 063,80 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczcie 10.2.2016. Zakoczenie 31.12.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym
III.1)Warunki dotyczce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w wysokoci 6 300 PLN.
Wadium moe by wnoszone w jednej lub kilku nastpujcych formach:
1) pienidzu,
2) porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy
oszczdnociowo-kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze
porczeniem pieninym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z
póniejszymi zmianami).
* Wadium wpacane w pienidzu naley wnie przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajcego w banku PKO BP O/Midzychód nr rachunku: 21
10204144 0000 6002 0043 3250 z dopiskiem: Wadium usugi lene 2016.
* Z treci wadium wnoszonego w formie: porczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porczeniach udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci powinno wynika
bezwarunkowe, na kade pisemne danie zgoszone przez Zamawiajcego w
terminie zwizania ofert, zobowizanie gwaranta do wypaty
Zamawiajcemu penej kwoty wadium w okolicznociach okrelonych w art.
46 ust. 4a oraz art. 46ust. 5 Pzp. Dokument naley zoy w oryginale.
* Wniesienie wadium w pienidzu bdzie skuteczne, jeeli przed upywem
terminu skadania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiajcego. Wadium wnoszone w formie innej ni pienidz powinno by
zoone przed upywem terminu skadania ofert w siedzibie Zamawiajcego
pokój nr 6. Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz zamówienia
przez cay okres zwizania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium
lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym
terminie, zostanie wykluczony z postpowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzucon.
* Tre gwarancji wadialnej musi zawiera nastpujce elementy:
1) nazw dajcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/porczenia (Zamawiajcego), gwaranta(banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajcych gwarancji/porczenia) oraz wskazanie ich
siedzib;
2) okrelenie wierzytelnoci, która ma by zabezpieczona
gwarancj/porczeniem okrelenie przedmiotu zamówienia;
3) kwot gwarancji/porczenia;
4) zobowizanie gwaranta/porczyciela do zapacenia bezwarunkowo i
nieodwoalnie kwoty gwarancji/porczenia na pierwsze pisemne danie
Zamawiajcego w okolicznociach okrelonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz
art. 46 ust. 5 Pzp.
* Wykonawcy, którego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajcy zwraca wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleytego
wykonania umowy, jeeli jego wniesienia dano.
* Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofa ofert przed upywem terminu skadania ofert.
* Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, jeeli w wyniku
rozstrzygnicia odwoania jego oferta zostaa wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okrelonym przez
Zamawiajcego.
* Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, Zamawiajcy zwraca je wraz z
odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na którym byo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawc.
* Zamawiajcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeeli wykonawca,
którego oferta zostaa wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach okrelonych w ofercie;
2) nie wniós wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stao si niemoliwe
z przyczyn lecych po stronie wykonawcy.
* Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli Wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn
lecych po jego stronie nie zoy dokumentów lub owiadcze, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, penomocnictw, listy podmiotów
nalecych do tej samej grupy kapitaowej,o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej,
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowao brak moliwoci wybrania oferty
zoonej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Gówne warunki finansowe i uzgodnienia patnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujcych:
III.1.3)Forma prawna, jak musi przyj grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zasady, kryteria i standardy zrównowaonej
gospodarki lenej FSC, PEFC dostpne na stronie pod adresem:
[8]http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz,
[9]http://www.pefc-polska.pl
III.2)Warunki udziau
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwizane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny
speniania wymogów: W postpowaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy
nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia w
okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, art. 24 ust. 2a
Pzp oraz w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
1. Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp Zamawiajcy wykluczy z postpowania
o udzielenie zamówienia wykonawc, który w okresie 3 lat przed
wszczciem postpowania, w sposób zawiniony powanie naruszy obowizki
zawodowe, w szczególnoci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziaania lub racego niedbalstwa nie wykona lub nienaleycie wykona
zamówienie.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp Zamawiajcy wykluczy z
postpowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nalec do tej
samej grupy kapitaowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z pón. zm.), zoyli
odrbne oferty, chyba, e wyka, e istniejce midzy nimi powizania
nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy wykonawcami w
postpowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W postpowaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy speniaj warunki
udziau w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub
czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania.
Zamawiajcy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu speniania
tego warunku udziau w postpowaniu.
2) posiadania wiedzy i dowiadczenia.
Warunek ten zostanie speniony, jeli Wykonawca wykae, e w okresie
ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert (a jeeli okres
prowadzenia dziaalnoci jest krótszy w tym okresie):
zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku bdzie liczona
warto zrealizowanej czci umowy)usug lub usugi polegajce na
wykonywaniu prac z zakresu szkókarstwa i nasiennictwa, na czn kwot
nie mniejsz ni 160 000 PLN brutto,
3. Ocena speniania warunków udziau w postpowaniu dokonana zostanie
zgodnie z formu spenia/nie spenia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach lub owiadczeniach zoonych przez Wykonawców, o
których mowa w pkt 8 SIWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie
zamówienia, kady z warunków udziau w postpowaniu okrelonych w pkt
7.2. SIWZ winien spenia co najmniej jeden z tych wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. aden z wykonawców wspólnie ubiegajcych
si o udzielenie zamówienia nie moe podlega wykluczeniu z
postpowania. 6. W przypadku, gdy wartoci okrelone w dokumentach
przedkadanych na potwierdzenie spenienia warunku dot. wiedzy i
dowiadczenia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostan wyraone
w walutach obcych to do oceny spenienia warunku zostan przeliczone na
zote (PLN) wedle redniego kursu NBP danej waluty do PLNz dnia
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii
Europejskiej.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia do oferty naley zaczy:
a) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zacznikiem
nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
b) aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
c) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajcego, i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
d) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
e) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 i 1011 Pzp wystawione nie
wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
f) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy
przed upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
g) Jeeli w przypadku Wykonawcy majcego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
58, 10 i 11 Pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skada w odniesieniu do nich
zawiadczenie waciwego organu sdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczcego niekaralnoci tych osób w zakresie okrelonym
w art. 24 ust. 1 pkt 58, 10 i 11 Pzp wystawione nie wczeniej ni 6
miesicy przed terminem skadania ofert, z tym e w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich zawiadcze
zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie zoone przed
waciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem;
h) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 Pzp Wykonawca wraz z ofert skada list podmiotów nalecych
do tej samej grupy kapitaowej albo informacj o tym, e nie naley do
grupy kapitaowej (wg wzoru stanowicego zacznik nr 7 do SIWZ). W
przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
7. W przypadku oferty wykonawców wykonujcych dziaalno w formie
spóki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie
ubiegajcych si o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje si
odpowiednio z zastrzeeniem, e do oferty naley zaczy (1) aktualne
zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego,
i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub zawiadczenie, e
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu oraz (2) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spoecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem
skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na
raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu odrbnie dla kadego ze wspólników oraz odrbnie dla
spóki.
8. W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla
kadej czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce
owiadczenia i dokumenty:
a) owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu
okrelonych w art. 22 ust. 1 Pzp zgodnie z zacznikiem nr 2 do SIWZ;
b) wykaz usug wykonanych (a w przypadku wiadcze okresowych lub
cigych równie wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed
upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia
dziaalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usugi zostay
wykonane oraz zaczeniem dowodów, e usugi zostay wykonane lub s
wykonywane naleycie zgodnie z zacznikiem nr 4 do SIWZ.
Dowodami s: (1) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal
wykonywanych usug okresowych lub cigych powiadczenie powinno by
wydane nie wczeniej ni na 3 miesice przed upywem terminu skadania
ofert; (2) owiadczenie Wykonawcy jeeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
powiadczenia, o którym mowa w pkt (1). W przypadku, gdy Zamawiajcy
jest podmiotem, na rzecz którego usugi wykazane w wykazie, zostay
wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkadania w/w
dowodów. W przypadku skadania oferty wspólnej Wykonawcy skadaj jeden
wspólny w/w wykaz dla kadej czci.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Dokument, z którego bdzie wynika zobowizanie podmiotu
trzeciego powinien wyraa w sposób jednoznaczny wol udostpnienia
Wykonawcy ubiegajcemu si o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas
udostpnienia oraz inne okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego
zasobu. Z treci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika:
(1) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu
zamówienia, (3)charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym
podmiotem, (4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu wykonawcy do
dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia okrela
zacznik nr 11 do SIWZ.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 8.1. SIWZ.
III.2.2)Zdolno ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o
udzielenie zamówienia do oferty naley zaczy:
a) aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego
potwierdzajcego, i Wykonawca nie zalega z opacaniem podatków lub
zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci
wykonania decyzji waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3
miesice przed upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich;
b) aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne lub potwierdzenie, e uzyska
przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozoenie na raty
zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji
waciwego organu wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed
upywem terminu skadania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub wicej Wykonawców, w ofercie musz by zoone
przedmiotowe dokumenty dla kadego z nich.
W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla kadej
czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce owiadczenia i
dokumenty: informacj banku lub spódzielczej kasy
oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajce wysoko posiadanych rodków
finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawian nie wczeniej
ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert; jeeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi dokumentów
dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajcego,moe przedstawi inny dokument, który w wystarczajcy
sposób potwierdza spenianie opisanego przez Zamawiajcego warunku.
Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnociach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezalenie od
charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnoci
przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Dokument, z którego bdzie wynika zobowizanie podmiotu
trzeciego powinien wyraa w sposób jednoznaczny wol udostpnienia
Wykonawcy ubiegajcemu si o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas
udostpnienia oraz inne okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego
zasobu. Z treci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika:
(1) zakres dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu
zamówienia, (3) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z
innym podmiotem, (4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu
wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia okrela zacznik nr 11 do SIWZ.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 8.1 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiajcy nie
stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu speniania warunku udziau
w postpowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolnoci ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie speniony, jeli
Wykonawca wykae, e dysponuje rodkami finansowymi lub zdolnoci
kredytow nie mniejsz ni 25 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
Informacje i formalnoci konieczne do dokonania oceny speniania
wymogów:
W celu wykazania spenienia warunków udziau w postpowaniu dla kadej
czci zamówienia do ofert naley zaczy nastpujce owiadczenia i
dokumenty:
a) wykaz urzdze technicznych dostpnych Wykonawcy wraz z informacj o
podstawie dysponowania zasobami (zacznik nr 6 do SIWZ);
b) wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia
niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez
nich czynnoci wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi
osobami oraz owiadczeniem, e osoby które bd uczestniczy w
wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadaj wymagane
uprawnienia (zacznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca moe polega na wiedzy i
dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnociach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni
Zamawiajcemu, i bdzie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne
zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego bdzie
wynika zobowizanie podmiotu trzeciego powinien wyraa w sposób
jednoznaczny wol udostpnienia Wykonawcy ubiegajcemu si o
zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa jakiego zasobu
dotyczy, okrela jego rodzaj, zakres,czas udostpnienia oraz inne
okolicznoci wynikajce ze specyfiki danego zasobu. Z treci
przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika: (1) zakres
dostpnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia,
(3) charakter stosunku, jaki bdzie czy Wykonawc z innym podmiotem,
(4) zakresu i okres udziau innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia. Niewicy wzór zobowizania o oddaniu wykonawcy do
dyspozycji niezbdnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia okrela
zacznik nr 11 do SIWZ.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiajcy, w celu oceny, czy
Wykonawca bdzie dysponowa zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbdnym dla naleytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
czcy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do
ich zasobów, da ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e
SIWZ w odniesieniu do podmiotu udostpniajcego zasoby.
Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bd bray udzia w
realizacji czci zamówienia, Zamawiajcy da od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 8.1 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjaem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie speniony, jeli
Wykonawca wykae, e dysponuje:
a) co najmniej 1 osob która ukoczya z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczajce do wykonywania oprysków chemicznych zgodne z
Rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2013 w sprawie
szkole w zakresie rodków ochrony rolin (Dz.U. 2013, poz. 554 z pón.
zm.);
b) co najmniej 1 szt. cignik;
c) co najmniej 1 szt. pug do przygotowania gleby;
d) co najmniej 1 szt. opryskiwacz cignikowy;
e) co najmniej 1 szt. agregat uprawowy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczce zamówie na usugi
III.3.1)Informacje dotyczce okrelonego zawodu
wiadczenie usugi zastrzeone jest dla okrelonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usugi
Osoby prawne powinny wskaza nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usugi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan zaproszeni do
skadania ofert lub do udziau
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
kryteria okrelone poniej
1. Cena. Waga 80
2. Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na
podstawie umowy o prac. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc:
NA.270.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w
postpowaniu
27.1.2016 - 09:30
IV.3.5)Data wysania zaprosze do skadania ofert lub do udziau
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Jzyki, w których mona sporzdza oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziau w postpowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent bdzie zwizany ofert
Okres w miesicach: 30 (od ustalonej daty skadania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.1.2016 - 10:00
Miejscowo:
Nadlenictwo Midzychód, Przedlesie 12, 64-400 Midzychód, sala narad I
pitro nr 13.
Osoby upowanione do obecnoci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o powtarzajcym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajcym si: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamówie uzupeniajcych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokoci do 50 % wartoci
poszczególnych czci zamówienia.
2. Przeduenie terminu obowizywania Umowy maksymalnie do 31.1.2017 w
przypadku braku moliwoci wykonania przez Wykonawc zleconych usug
przed upywem terminu obowizywania Umowy, z przyczyn nielecych po
stronie Wykonawcy, polegajcych na dziaaniu siy wyszej, za któr
uwaa si zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystpujce po
zawarciu Umowy w szczególnoci powód, deszcz nawalny,poar, huraganowe
wiatry albo polegajcych na wystpieniu niekorzystnych warunków
pogodowych, których zaistnienie lub skutki uniemoliwiaj wykonanie
usug w terminie obowizywania Umowy.
VI.4)Procedury odwoawcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Urzd Zamówie Publicznych Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [10]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [11]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/3
VI.4.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: 1. Wykonawca,
jeeli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub moe
ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów Pzp
moe skorzysta ze rodków ochrony prawnej okrelonych w dziale VI Pzp,
tj. odwoanie i skarga do sdu.
2. Odwoanie przysuguje wycznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnoci zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na
podstawie Pzp.
3. Odwoanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci
Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami Pzp,
zawiera zwize przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz
wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie
odwoania.
4. Odwoanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwoanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przesania informacji
o czynnoci zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia jeeli
zostay przesane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w
terminie 15 dni jeeli zostay przesane w inny sposób.
6. Odwoanie wobec treci ogoszenia o zamówieniu, a jeeli
postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, take
wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si
w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwoanie wobec czynnoci innych ni okrelone w pkt 18.5 i pkt 18.6
w SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzito lub przy
zachowaniu naleytej starannoci mona byo powzi wiadomo o
okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej stronom oraz uczestnikom
postpowania odwoawczego przysuguje skarga do sdu.
VI.4.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [12]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [13]http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/3
VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Restaurant- und Bewirtungsdienste - IT-Rom
Restaurant- und Bewirtungsdienste
Betrieb von Kantinen
Ausschankdienste
Dokument Nr...: 4173-2016 (ID: 2016010709100941606)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
IT-Rom: Restaurant- und Bewirtungsdienste
2016/S 4/2016 4173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ACI Informatica SpA
Via Fiume delle Perle 24
00144 Roma
ITALIEN
Telefon: +39 0652999666
E-Mail: [4]gara.mensa2015@informatica.aci.it
Fax: +39 065295975 / 0652999679
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.informatica.aci.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
55300000, 55512000, 55410000
Beschreibung
Restaurant- und Bewirtungsdienste.
Betrieb von Kantinen.
Ausschankdienste.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sodexo Italia SpA
Via Fratelli Gracchi 36
20092 Cinisello Balsamo (MI)
ITALIEN
E-Mail: [6]sodexoaziende@legalmail.it
Telefon: +39 0665093155
Fax: +39 0665093145
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 965 250 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:gara.mensa2015@informatica.aci.it?subject=TED
5. http://www.informatica.aci.it/
6. mailto:sodexoaziende@legalmail.it?subject=TED
OT: 07/01/2016 S4 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
aperta
Italia-Roma: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
2016/S 004-004173
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACI Informatica SpA
Via Fiume delle Perle 24
00144 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0652999666
Posta elettronica: [6]gara.mensa2015@informatica.aci.it
Fax: +39 065295975 / 0652999679
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.informatica.aci.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Altro: servizi informatici
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto
ambientale.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Presso la sede di ACI Informatica S.p.A.
sita a Roma in Via Fiume delle Perle 24.
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha ad oggetto l'erogazione del servizio di mensa aziendale e
gestione del bar interno per un numero complessivo stimato di pasti da
erogare nel triennio contrattuale pari a 165 000.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55300000, 55512000, 55410000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Prezzo. Ponderazione 50
2. Merito tecnico. Ponderazione 50
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 043-074459 del 3.3.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.12.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 17
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
Sodexo Italia SpA
Via Fratelli Gracchi 36
20092 Cinisello Balsamo (MI)
ITALIA
Posta elettronica: [9]sodexoaziende@legalmail.it
Telefono: +39 0665093155
Fax: +39 0665093145
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 965 250 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
1) II.1.5) CPV: oggetto principale: 55300000-3; 55512000-2; 55410000-7;
2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: il
Bando di gara è pubblicato sulla GURI, 5a Serie Speciale Contratti
pubblici, n. 29 del 9.3.2015.
3) V.4) Informazione sul valore dell'appalto:
Valore totale dell'appalto: 965 250 EUR, IVA esclusa, oltre a 390 EUR
per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Il corrispettivo
unitario per singolo pasto è di 5,85 EUR.
4) Codice CIG: 6114125F8C.
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio sede di Roma
Via Flaminia
00196 Roma
ITALIA
Posta elettronica: [10]webmaster@giustizia-amministrativa.it
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: [11]https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso
avanti al TAR nei termini e con le modalità di legge.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Sortiermaschinen - FR-Besançon
Sortiermaschinen
Postverteilanlagen
Versandeinrichtungen
Massenversandeinrichtungen
Dokument Nr...: 4273-2016 (ID: 2016010709110541707)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
FR-Besançon: Sortiermaschinen
2016/S 4/2016 4273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Centre hospitalier régional et univers
2 place Saint-Jacques
Zu Händen von: Mme Cenni A Mel
25030 Besançon Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 381218659
E-Mail: [4]aouldadda@chu-besancon.fr
Fax: +33 381218743
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]https://www.achatpublic.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30132000, 30132100, 30133000, 30133100
Beschreibung
Sortiermaschinen.
Postverteilanlagen.
Versandeinrichtungen.
Massenversandeinrichtungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Pitney BOWES
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:aouldadda@chu-besancon.fr?subject=TED
5. https://www.achatpublic.com/
OT: 07/01/2016 S4 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Besançon: Matériel de tri
2016/S 004-004273
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Centre hospitalier régional et univers
2 place Saint-Jacques
À l'attention de: Mme Cenni A Mel
25030 Besançon Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 381218659
E-mail: [6]aouldadda@chu-besancon.fr
Fax: +33 381218743
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]https://www.achatpublic.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Location et maintenance d'un matériel de mise sous pli pour le bureau
des entrées du CHRU de Besançon.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30132000, 30132100, 30133000, 30133100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique des produits et prestations. Pondération 50
2. Prix. Pondération 50
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015/85
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 162-297074 du 22.8.2015
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Location et maintenance d'un matériel de mise sous pli pour
le CHRU de Besançon
V.1)Date d'attribution du marché:
25.11.2015
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Pitney BOWES
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-128659, mise en ligne le 19.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25000 Besançon
E-mail: [9]greffe.ta-besancon@juradm.fr
Téléphone: +33 381826000
Fax: +33 381826001
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Innenausstattungsgegenstände - FR-Paris La Défense
Innenausstattungsgegenstände
Dokument Nr...: 4373-2016 (ID: 2016010709121541808)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
FR-Paris La Défense: Innenausstattungsgegenstände
2016/S 4/2016 4373
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
EDF SA
20 place de la Défense
Kontaktstelle(n): Portail achats
Zu Händen von: Fabrice Guyard
92050 Paris La Défense Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 361260774
E-Mail: [4]fabrice.guyard@edf.fr
Fax: +33 361260783
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.edf.com
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://pha.edf.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44115800
Beschreibung
Innenausstattungsgegenstände.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 1
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 2
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 3
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 4
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
Los-Nr: 5
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
References
4. mailto:fabrice.guyard@edf.fr?subject=TED
5. http://www.edf.com/
6. https://pha.edf.com/
OT: 07/01/2016 S4 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure négociée
France-Paris La Défense: Aménagements intérieurs de bâtiment
2016/S 004-004373
Avis d'attribution de marché secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
EDF SA
20 place de la Défense
Point(s) de contact: Portail achats
À l'attention de: Fabrice Guyard
92050 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 361260774
E-mail: [6]fabrice.guyard@edf.fr
Fax: +33 361260783
Adresse(s) internet:
Adresse générale de lentité adjudicatrice: [7]www.edf.com
Adresse du profil dacheteur: [8]https://pha.edf.com
I.2)Activité principale
Électricité
I.3)Attribution de marché pour le compte dautres entités
adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités
adjudicatrices: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Marchés de travaux de rénovation intérieure des bâtiments 1-2-3 UFPI
site du Bugey.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: EDF Unité de Formation Production
Ingénierie Campus du Bugey BP 70130 01155 LAGNIEU cedex.
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Marché de travaux immobiliers par lot, rénovation intérieure des
bâtiments 1-2-3UFPI site du Bugey. Les lots concernés par les travaux
sont:
lot n° 00 généralités communes à tous les lots,
lot n° 01 désamiantage,
lot n° 02 démolitions et déposés intérieures maçonnerie carrelage
faïences,
lot n° 03 finitions avec les corps d'état suivants:
plâtrerie peinture,
plafonds suspendus,
menuiserie sintérieures bois,
sols souples,
planchers techniques,
cloisons démontables,
agencement (optionnel),
lot n° 04 plomberie sanitaire ventilation CVC,
lot n° 05 électricité courants faibles courants forts MRI.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44115800
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par lentité
adjudicatrice:
n°tender 164929
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Désamiantage
V.1.1)Date d'attribution du marché:
21.12.2015
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 2 - Intitulé: Démolition et déposes intérieures
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 3 - Intitulé: Lot de finitions
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 4 - Intitulé: Plomberie sanitaire ventilation-CVC
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
V.1)Attribution et valeur du marché
Lot nº: 5 - Intitulé: Électricité-courants forts et faibles-MRI
V.1.1)Date d'attribution du marché:
V.1.2)Informations sur les offres
V.1.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
V.1.4)Informations sur le montant du marché
V.1.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
V.1.6)Prix payé pour les achats d'opportunité
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris
FRANCE
Adresse internet: [9]http://www.justice.gouv.fr
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
75055 Paris
FRANCE
Adresse internet: [10]http://www.justice.gouv.fr
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen - MK-Skopje
Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen
Dokument Nr...: 4473-2016 (ID: 2016010709132341905)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
MK-Skopje: Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen
2016/S 4/2016 4473
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ministry of Transport and Comunication Macedonia
str. Dame Gruev no. 6
Zu Händen von: Borce Razmoski
1000 Skopje
EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
Telefon: +389 23145445
E-Mail: [4]borce.razmoski@mtc.gov.mk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://mtc.gov.mk
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://mtc.gov.mk
Elektronischer Zugang zu Informationen: [7]http://e-nabavki.gov.mk
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://e-nabavki.gov.mk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
65130000
Beschreibung
Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 22.1.2016 - 10:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.1.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Sonstige: Macedonian.
References
4. mailto:borce.razmoski@mtc.gov.mk?subject=TED
5. http://mtc.gov.mk/
6. http://mtc.gov.mk/
7. http://e-nabavki.gov.mk/
8. http://e-nabavki.gov.mk/
OT: 07/01/2016 S4 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
Former Yugoslav Republic of Macedonia-Skopje: Operation of water
supplies
2016/S 004-004473
Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Ministry of Transport and Comunication Macedonia
str. Dame Gruev no. 6
For the attention of: Borce Razmoski
1000 Skopje
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Telephone: +389 23145445
E-mail: [6]borce.razmoski@mtc.gov.mk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]http://mtc.gov.mk
Address of the buyer profile: [8]http://mtc.gov.mk
Electronic access to information: [9]http://e-nabavki.gov.mk
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[10]http://e-nabavki.gov.mk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Public Procurement of Goods Equipment by Placement and Integration of
the Equipment for Reconstruction of Pump Station for Well B1 and B3 and
Reconstruction of Repump Station Murgashevo for the Water Supply System
of the Municipality of Demir Hisar.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Murgashevo, Municipality of Demir Hisar.
NUTS code MK
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
All details are given at the tender documentation.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
65130000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 7 270 000 MKD
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 6 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
As part of the tender, the respective economic operator shall
obligatory provide tender guarantee amounting 3 % of the total value of
the respective tender, VAT exclude.
Performance guarantee:
The requirement for signing the contract with the most advantageous
economic operator is the provision of a performance guarantee for the
contract in amount of 10 % of the public procurement contract value.
Advanced payment:
For the performance of the Public Procurement Contract, advanced
payment in the amount of 20 % of the contract value with VAT included
shall be allowed. Prior to the payment of the advance, the procurement
holder is obliged to submit a bank guarantee in the amount of the
agreed advance within 5 working days as of the day of signing the
Contract with a validity period until the day of payment of the 1^st
interim situation, whose value is in the amount of the advance.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
Payment terms:
For the performed procurement by placement and integration of the water
meters and other equipment, the bidder should submit:
Attest from the manufacturer should be obligatorily submitted during
the delivery, separately for each part of the procurement;
Signed and verified Interim Report with a bill of quantities for the
performed procurement with placement and integration of the water
meters and other equipment;
Signed and verified Final Report prepared with bill of quantities for
the performed procurement with placement and integration of the water
meters and other equipment.
Method of payment:
The payment shall be effectuated in the following manner:
The payment shall be effectuated with a transfer order within 180
days as of the receipt of the signed and verified invoices submitted to
the archive of the Contracting Authority upon the actually performed
procurement and placement and integration of the scope of the
procurement;
The payment of the scope of the procurement shall be effectuated by
preparing and submitting an invoice which should contain the following:
a. The annex to the invoice should comprise duly verified dispatch note
and the annexes specified in item 7.1.2;
b. The method of payment is obligatory. Each bid that contains a method
of payment different than the 1 referred to in this item shall be
considered as unacceptable and as such it shall be rejected by the
Public Procurement Commission.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
Group of tenderers shall also have the right to submit a tender without
the obligation to be associated in the appropriate legal form.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Statement of the economic operator that, within
the last 5 years, it has not had any legally effective judgment for
participation in a criminal organization, corruption, fraud or money
laundering, pronounced against it;
Confirmation that it is not subject to an open bankruptcy procedure
by a competent authority of the country of registration of the economic
operator;
Confirmation that it is not subject to an open liquidation procedure
by a competent authority of the country of registration of the economic
operator;
Confirmation for paid taxes, contributions and other public dues
issued by a competent authority in the country where the economic
operator is registered;
Confirmation from the Registry of Penalties for Committed Criminal
Acts of the legal entities that it was not pronounced with a 2^nd
penalty prohibiting the participation in the public procedures, the
Public procurement Contract Award procedures and the public-private
partnership procedures;
Confirmation from the Registry of Penalties for Committed Criminal
Acts of the legal entities that they were not pronounced with a 2^nd
penalty for temporary or permanent prohibiting for performing certain
activity; and
Confirmation that there is no legally effective judgment imposing a
misdemeanour sanction involving prohibition to perform a profession,
activity or duty, or prohibition to perform a specific activity,
imposed against it from the country of registration of the economic
operator.
The statement referred to in indent 1, sub-item 2.2.2 is prepared in an
electronic form and signed with an electronic signature by the economic
operator, and the same should not be verified by a competent authority.
The confirmation referred to in indent 2, sub-item 2.2.2, that there
are is open bankruptcy procedure, and the confirmation referred to
indent 3 of sub-item 2.2.2, that there is no open liquidation
procedure, as well as the confirmations of the Registry of Penalties
for Committed Criminal Acts referred to in indents 5 and 6 of
sub-item2.2.2, are issued by competent authorities in the country where
the economic operator is registered. The Central Registry of RM is the
competent authority for issuing such confirmations in the Republic of
Macedonia.
The confirmation referred to in indent 4, sub-item 2.2.2 for paid
taxes, contributions and other public dues is issued by a competent
authority in the country of registration of the economic operator. The
Public Revenues Office is the competent authority in the Republic of
Macedonia for issuing of this confirmation.
The confirmation referred to in indent 7, sub-item 2.2.2 is issued by
the competent authority of the country where the economic operator is
registered.
The Central Registry of RM is the competent authority for issuing of
this confirmation in the Republic of Macedonia.
The documents referred to in sub-item 2.2.2 must not be older than 6
(six) months counted backwards from the final deadline for submission
of the tenders.
The documents proving the personal standing are submitted in original
or a copy verified by the economic operator.
If the contracting authority has any doubts regarding the documents
proving the personal standing of the economic operator, it can request
information directly from the competent bodies that have issued the
documents proving the personal standing.
If the country where the economic operator is registered does not issue
the documents referred to in sub-item 2.2.2 or if the documents do not
include all cases stipulated above the economic operator shall be
obliged to submit a Statement, verified with a competent authority,
declaring that there are no open bankruptcy procedures against it;
there are no open liquidation procedures, that the economic operator
has paid all taxes,contributions and other public dues to the state;
that no 2^nd penalty prohibiting the participation in public
procurement procedures, contract award procedures or public-private
partnership procedures was pronounced against the economic operator;
that no 2^nd penalty for temporary or permanent prohibition for
performing a certain activity was pronounced against the economic
operator; and that no legally effective judgment for a misdemeanour
sanction prohibition to perform a profession, activity, or duty, that
is, a temporary prohibition to perform a certain activity in the
country of registration of the tenderer was pronounced against the
economic operator.
Capability for performing a professional activity:
In order to prove the capability for performing a professional
activity, the economic operator should submit a document of registered
activity as a proof that it is registered as natural person or legal
entity for performing the activity related to the scope of the contract
on public procurement or a proof that it is a member of an adequate
professional association in accordance with the regulations of the
country in which it is registered.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Not required.
Minimum level(s) of standards possibly required: Not required.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met:
Not required.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Not required.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: The Contracting
Authority shall use the electronic auction as the final phase in the
open procedure. The subject of the auction is the total price of the
public contract subject, that is, the lowest price out of the
acceptable tenders submitted in the initial phase of the procedure. The
request for participation at the auction shall be electronically
delivered through the ESPP following the complete evaluation of the
initial tenders, to all economic operators who have submitted
acceptable tenders in the 1st phase of the procedure. Following the
complete evaluation of the initial tenders and the approval of the
initial ranking list, an automatic notification shall be sent through
the ESPP to the registered e-mail address of each economic operator who
is not qualified for participation at the electronic auction, whereas
the qualified tenderers for participation at the auction shall be
directly submitted with a Request for Participation at the auction. The
request for participation at the auction shall contain the following
data: initial auction price, that is the lowest price of the initially
submitted tenders; date and hour of commencement and closing of the
auction; the interval within which the negative bidding shall be
carried out (minimal and maximal difference in offered prices); as well
as the current rank of the tenderer made on the basis of the initially
submitted price. The reached total price at the electronic auction,
including all costs and discounts, VAT excluded, for the contract
subject, shall involve proportional reduction of prices for each
position of the public procurement contract subject.
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
153/2015
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 22.1.2016 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Other: Macedonian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 22.1.2016 - 10:00
Place:
Ministry of Transport and Communications.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure:
Any interested party can attend the public opening of tenders. Only the
authorised representatives of the tenderers may participate in the
procedure for public opening of tenders with providing their own
remarks registered in the minutes for the tender opening.
At the public opening of tenders, authorised representatives of
economic operators must present an authorisation signed by the
authorised person of the economic operator. All authorised
representatives of the economic operators present at the public opening
of tenders should sign an attendance list.
The tender opening shall be electronic, via the ESPP, and shall be
public.
The public opening of tenders shall take place on 22.1.2016 at 10:00 in
the Ministry of Transport and Communications. All submitted tenders
shall be opened in-line with the Law on Public Procurement, as follows:
1 at a time, by reading the name of each economic operator, followed by
establishing whether the tenders have been submitted pursuant to item
4.8 of the tender documentation and whether all tenders have been
signed electronically, followed by a reading of tenders respecting the
same order of opening. The tenderers which shall fail to meet the
requirements referred to in the tender documentation shall be excluded
from the further procedure, that is, they shall not be invited to the
electronic auction. None of the tenders shall be rejected at the
opening of the tenders, except for the late tenders.
The Public Procurement Commission shall open the tenders even if only 1
tender is received. In that case, there shall be no electronic auction.
The condition for having an electronic auction is to receive at least 2
acceptable tenders in the procedure. During the public opening of
tenders and evaluation of the initially submitted tenders, minutes
shall be kept in-line with the Rulebook for the Procedure for Tenders
Opening and the Form for Minutes Keeping at Tenders Opening (Official
Gazette of the Republic of Macedonia No 154/07), as well as a Report
on the conducted procedure.
Prior to evaluating the tenders, the commission shall check whether a
negative reference was published till the expiry of the deadline for
submission of tenders and shall verify the completeness and validity of
the documentation proving the tenderer's capability. Unacceptable
tenders shall not be evaluated by the commission. The evaluation of
tenders shall be performed in accordance with the criteria indicated in
the tender documentation, published in the contract award notice.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
Deadline and place of delivery:
The holder of the procurement shall be obliged to perform the
procurement with placement and integration within 6 (six) calendar
months.
The procurement shall be performed successively in accordance with the
adopted dynamics for the procurement with placement and integration,
approved by the Purchaser.
The deadline for delivery of the goods shall start as of the day of
commissioning of the holder of the procurement.
Each bid that contains a delivery deadline different than the 1
referred to in this item shall be considered as unacceptable and as
such it shall be rejected by the Public Procurement Commission.
Advance payment:
7.4.1. For the purpose of performing the contract on public
procurement, an advance payment in the amount of 20 % of the contract
value, VAT included, shall be allowed.
Prior to the payment of the advance, the holder of the procurement
shall be obliged to submit a bank guarantee in the amount of the agreed
advance payment within 5 working days as of the day of signing of the
Contract with validity period as of the day of payment of the 1^st
interim situation, whose value is in the amount of the advance payment.
II) Technical Specifications:
1. Pumps Well 1: Vertical well pump, length of installation L = 10 m,
with included suction filter:
Q = 1 300-2 220 lit/min;
H = 42-22 mVs;
Power of installed electric motor not exceeding 15 kW;
The consumption in the work point not exceeding 12,5 kW;
Pump performance higher than 75 %;
NPSH mx. 5 m.
Material:
Body: Gray iron;
Work circuits: Gray iron;
Suction filter: galvanized steel.
Electric motor:
400 V ± 5 %, 50 Hz,
Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
equivalent;
The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 300 kg.
Well 3:
Vertical well pump, length of installation L = 9 m, with included
suction filter:
Q = 1 300-2 220 lit/min;
H = 42-22 mVs;
Power of installed electric motor not exceeding 15 kW;
The consumption in the work point not exceeding 12,5 kW;
Pump performance higher than 75 %;
NPSH mx. 5 m.
Material:
Body: Gray iron;
Work circuits: Gray iron;
Suction filter: galvanized steel.
Electric motor:
400 V ± 5 %, 50 Hz;
Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
equivalent;
The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 300 kg.
Repumping station:
Vertical well pumps, length of installation L = 9 m, with included
suction filter:
1 pump operation:
Q = 1 200-1 800 lit/min;
H = 108-52 mVs.
Parallel operation of 2 pumps:
Q = 2 100-3 600 lit/min;
H = 114-55 mVs.
Power of installed electric motor not exceeding 30 kW;
The consumption in the work point not exceeding 27 kW;
Pump performance higher than 75 %;
NPSH mx. 4 m.
Material:
Body: Gray iron;
Work circuits: Gray iron;
Suction filter: galvanized steel.
Electric motor:
400 V ± 5 %, 50 Hz;
Protection: Protection from dust and water under all angles IP 55 or
equivalent;
The maximal weight of the pump aggregate must not exceed 465 kg.
During parallel operation of 2 pumps, the features must be as follows:
Q min = 2 280 l/min;
H min = 112 m.
2. Electrical Controlling Rack:
Controller of automatic regulation of the power factor (cos
controlller).
The controller is to have high-level of safety, easy parameterization
and safe output operation. Parameter setting option: capacitance
coefficient, presentation of current, voltage, capacitance, etc.
The change of the parameters is to be done via keyboard on the
device.
They must have a signalling light that shows which parameter is
displayed on the screen and which outputs are in function.
The display must have 3 digits.
There must be an operation mode selection: manual or automatic.
Technical characteristics:
Operating voltage: 230/400 V;
Operating frequency: 45-65 Hz;
Insulation voltage: max. 690 V;
Measuring range: 0 to 50 kVAp.
Measurement errors:
Voltage: ± 1,0 %;
Current: ± 1,0 %;
Capacitance coefficient: ± 1,0 %;
Reactive energy: ± 2,0 %;
Working temperature: - 10- + 55 °;
Humidity: 30-60 %;
Display: min. 3 digits.
Condenser batteries for correction of the power factor.
They are to be made in a cylindrical body with metal-propylene foil
that does not need special impregnation, filled with special resin.
The condenser battery is to be constructed in such a manner that in
case of damaging (over voltage, current or temperature) the connection
is interrupted on the upper lid where the power supply is connected. It
must be made via a specially constructed valve installed immediately
above the capacitance element.
The bodies of the 3 phase condensers contain integrated resistors for
their discharge.
The condenser battery can be used for both passive and active
compensation.
Technical characteristics:
Operating voltage: 440 V; 50 Hz;
Insulation voltage: max. 690 V;
Protection against over voltage: max. 6 kV/minute;
Capacity max. 8 kVAr at 440 V;
Tolerance: ± 5 %;
Working temperature: -40 °C- + 55 °C;
Losses: max. 0,5 W/kVAr;
Integrated discharge resistance.
3. Soft Starter:
I mx. 35 , 83 (for 30 kW);
Operating voltage from 208 to 690 V AC;
Control of the initial moment;
Number of relay outputs 250 VA C-5 3 pcs;
Analogue output 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA programmable upon a choice
Iamp, U volt, PkW, QkVar, cos .
Protection:
Electronic protection against overload;
Double protection (1 during the start and 1 during the operation)
against overload;
Input for the RTS engine temperature probe;
Protection against stuck rotor;
Protection against underload;
Protection against asymmetry or phase failure;
Protection against very high current (8 I e);
Warnings;
High current;
Low current;
Overload;
Overheating of thyristors;
Initial voltage programmable from 30 % to 70 %, initial time from
1,30 sec;
Turn off voltage programmable from 30 % to 70 %, initial time of
shutting off 0,30 sec.
4. Flange Fittings made of Ductile Iron:
The flange fittings must be certified for drinking water, made of
ductile iron, in accordance with EN 545 or an equivalent, internally
and externally the fittings must be coated with epoxy protective coat.
The manufacturer must have the following certificates:
GSK certificates or an equivalent;
DVGW certificates or an equivalent.
The flange fittings must be in accordance with the following standards:
Specification and test methods: EN 545:ISO 2531 or an equivalent;
The flanges must be made in accordance with: EN 1092-2 or an
equivalent.
5. Closing Valves (Flat/Oval):
The closing valves must be in accordance with EN1074 (1-2) or an
equivalent; ISO 7259 or an equivalent, the distance between the flanges
must be in accordance with ISO 5752 or an equivalent, short version EN
558-1 (F4) series F14 or an equivalent, long version EN 558-1 (F5)
series F15 or an equivalent, the flange dimensions and drilling must be
in accordance with EN 1092-2 or an equivalent, hydraulic test must be
in accordance with EN 12266 or an equivalent; ISO 5208 or an
equivalent, body and lid made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40) or an
equivalent, internally and externally coated with epoxy protection min.
250 microns the manufacturer must own a GSK certificate for quality
or an equivalent, cap made of ductile iron protected with vulcanized
EPDM with integrated sliders decrease of friction, axis made of
stainless steel (minimal quality degree 1.4021, i.e. 13 % cold rolled
chrome), spindle sealed with a multiple O-ring system (min. 2) and a
seal at the top of the spindle. Self-closing lid connection, without
screws. Maintenance-free. Including stainless steel screws, nuts,
washers and gaskets for flanges made of NBR. Hand valve wheel must be
made of ductile iron, with anti-corrosive protective coating made of
epoxy dust or an equivalent, with a washer, screw and nut made of
stainless steel.
6. Installation Dismantling Element:
Installation dismantling element must contain 3 flanges in accordance
with ISO 7005, EN1092 or an equivalent. The body must be made of
stainless steel, EPDM seal, internal and external epoxy protection min.
250 the manufacturer must own a GSK certificate for quality or an
equivalent, including stainless steel screws, nuts, washers and seals
approved for drinking water.
7. Electromagnetic Flow Meter:
Octagonal section of the sensor that enables installation of other
elements right next to the meter, without affecting the accuracy of the
measurement;
The sensor must contain memory that stores the data from the
transmitter;
Nominal pressure: PN10 (Optional PN16);
Flow meter connection: flange;
Protection of the sensor and the cable (protection from complete
submersion during the installation in the manhole) IP 68 or an
equivalent;
Internal coating of the sensor: Hard rubber intended for drinking
water;
Accuracy of the measurement: 0,4 %, optional 0,2 %;
Display: 2 line LCD display;
Transmitter protection: Protection against dust and water under all
angles;
IP 65 or an equivalent;
External power supply of the transmitter: 220 VAC/50 Hz;
2 way measurement;
Temperature: - 200 ° to + 600 °;
Output signals (outputs);
Current output 4-20 m;
2 separate output impulses;
2 programmable alarm outputs;
HART protocol;
Communication with a computer via IR (infra red) connection for
parameterization of the flow meter.
8. Check Valve:
The check valve must be in accordance with the following standards:
Integrated length: ISO 5752 series 48 or an equivalent; EN 558-1
series 48 or an equivalent;
The flanges must be made in accordance with EN 1092-2 (ISO 7005-2) or
an equivalent;
Hydraulic test in accordance with EN 1074-3 or an equivalent;
The check valve must be made of:
Body and lid made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40);
Disc made of ductile iron GJS 400-15 (GGG40) protected with
vulcanized EPDM;
Axis made of stainless steel;
Brass saddle;
Internal and external epoxy protection min. 250 microns;
The manufacturer must own a GSK certificate for quality or an
equivalent.
9. PLC Device for the Repumping Station:
PLC for measurement, management and protection of motors and pumps, as
well as Radio communication controlled by a SCADA main computer.
10. Manhole Cover:
Group 4 (Class D 400) in accordance with EN124 standard or an
equivalent: Roads (including pedestrian zones), barriers and parking
zones for all types of traffic vehicles. Normal traffic and occasional
checks.
Features:
Automatic lock with a protector made of cast iron and a spring;
Cover with hinge, can be opened min. 130 °, blocked at 90° during
closing;
Alterable cover with ventilation version;
Optimized fitting frame;
Option cover with an anti-theft protector (disables the 90° blocking
function);
Option locking system.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
State Appeals Commission for Public Procurement
Bul. Ilinden 63A
1000 Skopje
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Telephone: +389 2325125
Internet address: [11]http://dkzjn.mk
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: The appeal
shall be submitted within 8 days starting from the day of:
Publication of the contract award notice with reference to the data,
actions or failure to undertake actions related to the notice;
Opening of the tenders reference to the data, actions or failure to
undertake actions related to the tender documentation, that is, the
tender opening procedure;
Expiry of the time-frame for adoption of a decision for selection or
cancellation of the procedure pursuant to Article 162 Paragraph 2 of
the Public Procurement Law regarding the failure to make a decision for
selection or cancellation of the procedure in the relevant time-frame;
Receiving of the decision for selection of the most advantageous
tender or the decision for cancellation of the procedure; or
Findings about irregularities in the management of the contract award
procedure, within 1 year at the latest starting from the day of the
termination of the implemented procedure.
8.3.3. The time-frame to lodge an appeal regarding the determining of
the tenderers' capability and the overall evaluation of the initial
tenders shall be counted from the date of receipt of the decision
deciding on the individual right from the contract award procedure
following the electronic auction completion.
8.3.4. The economic operator that failed to lodge an appeal with
respect to the provisions stipulated in sub-item 8.3.2, shall not have
a right to an appeal in a later stage of the procedure for the same
legal basis.
8.3.5.The appeal should contain the following elements:
Data on the submitter of the appeal (name, surname, name of the
economic operator, address of residence and registered address);
Data on the representative or the proxy;
Name and registered address of the contracting authority;
Number and date of the contract award procedure and data on the
contract notice;
Number and date of the decision for selection of the most
advantageous tender, cancellation of the procedure or other decisions
of the contracting authority;
Data on the actions or failure to undertake actions by the
contracting authority;
Description of the factual situation;
Description and explanation of the irregularities;
Proposed evidence;
Appeal and/or claim for compensation of procedure costs; and
Signature and seal of an authorised person.
9.3.6. The submitter of the appeal shall be obliged to submit a proof
of payment of the fee for procedure implementation.
8.3.7. The submitter of the appeal whose registered address is not on
the territory of the Republic of Macedonia shall be obliged to
determine a proxy to receive writs.
8.3.8. The appeal shall be lodged with the State Appeals Commission.
The appeal shall be submitted in person or by registered mail to both
the contracting authority and the State Appeals Commission. The day
when the appeal is sent by registered mail shall be deemed as the day
when the appeal was submitted. In case the appeal is submitted in
person, the contracting authority shall be obliged to issue a
confirmation of the time of the receipt to the submitter.
9.3.9. In the procedure before the State Appeals Commission, the
appellant shall,in addition to the administrative fee, be liable to pay
a fee for implementing the procedure depending on the amount of the
tender, as follows:
Up to 20 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 100 EUR in MKD
counter-value,
From 20 000 EUR to 100 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 200 EUR
in MKD counter-value,
From 100 000 EUR to 200 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 300
EUR in MKD counter-value, or
Over 200 000 EUR in MKD counter-value, a fee of 400 EUR in MKD
counter-value.
8.3.10. In case when there is no tender, the amount of the fee for
procedure implementation shall be calculated on the basis of the
estimated value of the public procurement contract, and the State
Appeals Commission shall in form the appellant about the amount of the
fee and the deadline in which the appellant needs to submit proof for
payment of the fee 8.3.11. The procedure implementation fee shall be
revenue of the Budget of the Republic of Macedonia.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
State Appeals Commission for Public Procurement
Bul. Ilinden 63A
1000 Skopje
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Telephone: +389 2325125
Internet address: [12]http://dkzjn.mk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Putzarbeiten - DE-Potsdam
Putzarbeiten
Wärmedämmarbeiten
Dokument Nr...: 4573-2016 (ID: 2016010809005541980)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
DE-Potsdam: Putzarbeiten
2016/S 5/2016 4573
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Stadtwerke Potsdam GmbH
Steinstraße 101
Kontaktstelle(n): Abteilung Beschaffung
Zu Händen von: Herrn Michael Schneider
14480 Potsdam
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 3316611600
E-Mail: [6]vergabe-sfb@swp-potsdam.de
Fax: +49 3316611603
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[7]http://www.stadtwerke-potsdam.de
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://www.bi-medien.de/start
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: bi medien GmbH
Postfach 3407
24033 Kiel
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 4315359289
E-Mail: [9]vu@bi-medien.de
Fax: +49 4315359239
Internet-Adresse: [10]http://www.bi-medien.de/start
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Stadtwerke
I.3)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Neubau des Sport- und Freizeitbades am Brauhausberg in der
Landeshauptstadt Potsdam.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Potsdam, Am Brauhausberg 1.
NUTS-Code DE423
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Ausführung von Wärmedämmverbundsystem mit verschiedenen Oberputzen,
verschiedenen Außenputzen und Dämmschichten auf Außenwänden und
decken, teilweise gekrümmte Außenwände sowie Brüstungsmauern im
Außenbereich.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45410000, 45321000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Ca. 1 310 m² WDVS Mineralwolle mit Silikonharzputz, ca. 2 810 m² WDVS
Mineralwolle mit Edelkratzputz, ca. 1 030 m² WDVS Mineralwolle mit
mineralischem Oberputz gefilzt, ca. 640 m² Außenputz auf
Betonoberfläche.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 8 (ab Auftragsvergabe)
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen, insbesondere Vertragserfüllungsbürgschaft in
Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme und Gewährleistungsbürgschaft in
Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungssumme einschließlich Nachträgen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Sie müssen gesamtschuldnerisch
haften und einen bevollmächtigten
Vertreter benennen. Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot eine von
allen Mitgliedern unterzeichnete
Erklärung (Bietergemeinschaftserklärung) abzugeben,
in der alle Mitglieder mit Namen und Adressen benannt sind,
in der ein bevollmächtigter Vertreter bezeichnet ist,
wonach der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem
Auftraggeber im Vergabeverfahren und
für den Fall der Auftragserteilung bei der Vertragsdurchführung
rechtsverbindlich vertritt,
mit der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt
wird,
wonach alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: (1) Eigenerklärung über die Eintragung in das
Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes.
(2) Eigenerklärung darüber, ob ein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die
Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt
wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde.
(3) Eigenerklärung darüber, ob sich das Unternehmen in Liquidation
befindet.
(4) Eigenerklärung darüber, dass nachweislich keine schwere Verfehlung
begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt.
(5) Eigenerklärung darüber, dass die Verpflichtung zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde.
(6) Eigenerklärung darüber, dass sich das Unternehmen bei der
Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: (1) Eigenerklärung über den Umsatz des
Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft,
die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss
des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten
Aufträgen.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
(1) Eigenerklärung über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte,
gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal.
(2) Eigenerklärung über die Ausführung von Leistungen aus den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind, jeweils mit Angaben zu:
Ansprechpartner;
Art der ausgeführten Leistung;
Auftragssumme;
Ausführungszeitraum;
stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal
ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges
einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen;
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten
Arbeitnehmer;
stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und
gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung)
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller
Besonderheiten der Ausführung;
Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal);
Angabe zur vertraglichen Bindung
(Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer);
ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
wurden;
Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der
Leistung.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
VE05
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl: [11]2015/S 153-281632 vom 11.8.2015
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 12.2.2016 - 10:00
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 26 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: (1) Anforderung von Unterlagen in
Papierform: VE05 Zahlungsweise: Banküberweisung,
Lastschrifteinzugsermächtigung zu Gunsten der bi medien GmbH,
Bankverbindung: Empfänger: bi medien GmbH, Konto-Nr.: 258951, BLZ:
21290016, Geldinstitut:
Volksbank Raiffeisenbank eG, IBAN: DE74212900160000258951, BIC:
GENODEF1NMS, Verw.-zweck:
Vergabeunterlagen D423518633. Bei fehlendem Verwendungszweck auf der
Überweisung ist die Zahlung
nicht zuordenbar und die Unterlagen können nicht versendet werden. Die
Vergabeunterlagen werden nur
bei Vorliegen des Nachweises über die Zahlung versendet. Das
eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Zur Beachtung für Bieter aus
dem Ausland: zzgl. Auslandspauschale in Höhe von 3,50 EUR.
(2) Angaben zur Bereitstellung der Unterlagen in elektronischer Form:
Siehe Ziffer VI.3) (6).
(3) Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass bei der Übersendung der
Vergabeunterlagen in Papierform, Pläne nicht in Papierform übermittelt
werden, sondern digital mit Hilfe einer CD zur Verfügung gestellt
werden.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
12.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 13.3.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12.2.2016 - 10:00
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Bieter
oder ihre bevollmächtigten Vertreter.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
(1) Das Angebot ist in zweifacher Ausführung (ein Original, eine Kopie)
in einem verschlossenen und mit VE05 WDVS gekennzeichneten Umschlag
bei der unter Ziffer I.1) genannten Kontaktstelle einzureichen.
(2) Bei ausländischen Bietern genügen gleichwertige Bescheinigungen des
Herkunftslandes. Dokumente in anderer Sprache sind beglaubigte
Übersetzungen ins Deutsche beizufügen.
(3) Für die Angebotsauswahl werden nur die geforderten Unterlagen
berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
(4) Die Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung der Regelungen des
Brandenburgischen Gesetzes über
Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
(Brandenburgisches Vergabegesetz
BbgVergG) vom 21.09.2011.
(5) Nachfragen werden nur beantwortet, wenn sie schriftlich d.h. per
Post, E-Mail oder Fax bis spätestens
zum 04.02.2016, bis 13:00 Uhr bei der unter Ziffer I.1) genannten
Kontaktstelle gestellt werden. Eine
Beantwortung gestellter Fragen erfolgt ebenfalls ausschließlich
schriftlich. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.
(6) Die Vergabeunterlagen stehen unter [12]www.bi-medien.de/start unter
Angabe des bi-Ident-Codes D423518633 zum kostenfreien Download zur
Verfügung.
(7) Die Entscheidung über den Zuschlag steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam zum
Betrauungsakt.
(8) Bei der Einreichung eines Angebotes in Papierformat wird um die
zusätzliche Abgabe der Datei GAEB.d84 oder GAEB.X84 auf einer CD-ROM
gebeten.
(9) Der Nachweis der Eignung ist nach § 6 EG Abs. 3 Nr. 2 VOB/A zu
führen. Dieser Nachweis
kann mit der Eintragung in die Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
(Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst die Erklärungen und
Angaben gemäß Ziffer III.2.1) (1)-
(6), III.2.2) (1) und III.2.3) (1)-(2). Die Eintragung in ein
gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten
ist als Nachweis zugelassen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben
zum Nachweis der Eignung mit
dem Angebot das ausgefüllte Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur
Eignung vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die
im Formblatt VHB 124 Eigenerklärung zur Eignung angegebenen
Bescheinigungen zuständiger Stellen innerhalb von 6 Kalendertagen nach
gesondertem Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.
(10) Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die
Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist der Leistungsanteil, der an andere
Unternehmen untervergeben werden soll, mit Angebotsabgabe zu benennen.
Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen
des Auftraggebers die anderen Unternehmen zu benennen. Für die anderen
Unternehmen ist gleichzeitig die jeweilige Nummer im
Präqualifikationsverzeichnis anzugeben oder ist gleichzeitig eine
Eigenerklärung gemäß dem Formblatt
VHB 124 Eigenerklärung zur Eignung (diese umfasst die Erklärungen und
Angaben gemäß Ziffer III.2.1)
(1)-(6), III.2.2) (1) und III.2.3) (1)-(2)) vorzulegen. Zusätzlich ist
eine Verpflichtungserklärung des/der anderen Unternehmen(s)
einzureichen.
(11) Beruft sich der Bieter zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß Ziffer III.2.2) sowie technischen
Leistungsfähigkeit gemäß Ziffer III.2.3) auf die Fähigkeiten anderer
Unternehmen, sind diese Unternehmen mit Angebotsabgabe zu benennen und
ist für diese Unternehmen mit Angebotsabgabe der Nachweis der Eignung
nach § 6 EG Abs. 3 Nr. 2 VOB/A zu führen. Dieser Nachweis kann mit der
Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen und umfasst
die Erklärungen und Angaben gemäß Ziffer III.2.1) (1)-(6), III.2.2) (1)
und III.2.3) (1)-(2). Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis
anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis zugelassen. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem
Angebot das ausgefüllte Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur
Eignung vorzulegen. Zusätzlich ist mit Angebotsabgabe eine
Verpflichtungserklärung des/der anderen Unternehmen(s) einzureichen.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die im Formblatt VHB 124
Eigenerklärung zur Eignung angegebenen Bescheinigungen zuständiger
Stellen innerhalb von 6 Kalendertagen nach gesondertem Verlangen des
Auftraggebers vorzulegen.
(12) Jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft hat die geforderten
Erklärungen und Nachweise bezüglich der Eignung gesondert vorzulegen.
(13) Das Formblatt VHB 124 Eigenerklärungen zur Eignung wird den
Vergabeunterlagen beigefügt.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 3318661610
Fax: +49 3318661652
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Der
Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens muss innerhalb von
15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer
Rüge nicht abhelfen zu wollen, eingereicht werden (vgl. § 107 Abs. 3
Satz 1 Nr. 4 GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
6.1.2016
References
6. mailto:vergabe-sfb@swp-potsdam.de?subject=TED
7. http://www.stadtwerke-potsdam.de/
8. http://www.bi-medien.de/start
9. mailto:vu@bi-medien.de?subject=TED
10. http://www.bi-medien.de/start
11. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281632-2015:TEXT:DE:HTML
12. http://www.bi-medien.de/start
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Straßenarbeiten - FR-Châteauroux
Straßenarbeiten
Dokument Nr...: 4673-2016 (ID: 2016010809013742070)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
FR-Châteauroux: Straßenarbeiten
2016/S 5/2016 4673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Département de l'Indre
place de la Victoire et des Alliés CS 20639
36020 Châteauroux
FRANKREICH
E-Mail: [4]paujard@indre.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45233140
Beschreibung
Straßenarbeiten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Entreprise SEGEC
70 avenue Aristide Briand
36400 La Châtre
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 159 600 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 20
References
4. mailto:paujard@indre.fr?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Attribution de marché sans publication préalable
France-Châteauroux: Travaux routiers
2016/S 005-004673
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Département de l'Indre
place de la Victoire et des Alliés CS 20639
36020 Châteauroux
FRANCE
E-mail: [6]paujard@indre.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
RD 920 RD 40 aménagement d'un carrefour giratoire sur la rocade de
Châteauroux travaux de libération des emprises.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
RD 920 RD 40 aménagement d'un carrefour giratoire sur la rocade de
Châteauroux travaux de libération des emprises.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233140
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Attribution dun marché sans publication préalable dun avis de marché
au Journal officiel de lUnion européenne (dans les cas indiqués à la
section 2 de lannexe D1)
Justification de lattribution du marché sans publication préalable
dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
2) Autre justification de lattribution du marché sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE
Le marché ne relève pas du champ dapplication de la directive.
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 80
2. Valeur technique de l'offre. Pondération 20
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Section V: Attribution du marché
V.1)Date d'attribution du marché:
4.1.2016
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Entreprise SEGEC
70 avenue Aristide Briand
36400 La Châtre
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 159 600 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 20
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
1 cours Vergniaud
Limoges
Téléphone: +33 555339155
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Référé
pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du code de
justice administrative français)
Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de
l'avis d'attribution (R 551-7 du code de justice administrative)
Référé suspension dans les 2 mois à compter de leur publication
contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du code de
justice administrative).
Recours pour excès de pouvoir dans les 2 mois à compter de la
notification ou de la publication de la décision administrative
concernée (article r.421-1 du code de justice administrative).
Recours de plein contentieux dans les 2 mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées; dès la
signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à
déposer un recours pour excès de pouvoir
Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur,
dans le délai de déchéance quadriennale.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Künstliche Gelenke - LT-Wilna
Künstliche Gelenke
Dokument Nr...: 473-2016 (ID: 2016010209294637761)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
LT-Wilna: Künstliche Gelenke
2016/S 1/2016 473
Vereinfachte Auftragsbekanntmachung im Rahmen eines dynamischen
Beschaffungssystems
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
V Respublikin Vilniaus universitetin ligonin
124243848
iltnami g. 29
Zu Händen von: Donata Abialait-Kaniauskien
LT-04130 Vilnius
LITAUEN
Telefon: +370 52361165
E-Mail: [4]d.abisalaite@gmail.com
Fax: +370 52168984
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]https://www.rvul.lt
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33141750
Beschreibung
Künstliche Gelenke .
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.3)Schlusstermin für die Einreichung unverbindlicher Angebote für
den spezifischen Auftrag
20.1.2016 - 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) die Angebote abgefasst sein können
Litauisch.
References
4. mailto:d.abisalaite@gmail.com?subject=TED
5. https://www.rvul.lt/
6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
8. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 02/01/2016 S1 - - Preks - Skelbimas apie sutart (pirkim) -
Atviras konkursas
Lietuva-Vilnius: Dirbtiniai snariai
2016/S 001-000473
Supaprastintas skelbimas apie pirkim taikant dinamin pirkimo sistem
iam skelbimui taikoma: Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkanioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
V Respublikin Vilniaus universitetin ligonin
124243848
iltnami g. 29
Kam: Donata Abialait-Kaniauskien
LT-04130 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52361165
El. patas: [5]d.abisalaite@gmail.com
Faksas: +370 52168984
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkaniosios organizacijos ar perkaniojo subjekto
adresas: [6]https://www.rvul.lt
Pirkjo profilio adresas: [7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronin prieiga prie informacijos:
[8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
I.3)Pagrindin veikla
Sveikata
I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij ar perkanij
subjekt vardu
Perkanioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kit
perkanij organizacij ar perkanij subjekt vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas
II.1)Pavadinimas, kur perkanioji organizacija ar perkantysis
subjektas suteik sutariai:
8 kvietimas Individuali endoprotez pirkimas, taikant Dinamin
pirkimo sistem.
II.2)Sutarties tipas
Preks
II.3)Trumpas konkreios sutarties apraymas:
Dinamins pirkimo sistemos (toliau DPS) pagalba siekiama esant
poreikiui DPS galiojimo laikotarpiu vykdyti konkreius pirkimus
naudojantis DPS ir su konkrei pirkim laimtojais sudaryti pirkimo
sutartis dl individuali endoprotez tiekimo. DPS priimami visi
tiekjai, kuri orientaciniai pasilymai yra pripainti tinkamais
pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.
II.4)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
33141750
II.5)Kiekis ar konkreios sutarties apimtis:
Preki kiekiai priklausys nuo perkanij organizacij poreikio sigyti
tiekj silomas prekes. Dinamins pirkim sistemos metu planuojama
pirkim vert 1 600 000 LTL (be PVM).
IV dalis: Procedra
IV.1)Procedros tipas
IV.1.1)Procedros tipasAtvira procedra
IV.2)Administracin informacija
IV.2.1)Perkaniosios organizacijos ar perkaniojo subjekto priskirtas
bylos numeris:
153982
IV.2.2)Ankstesnis skelbimas (skelbimas apie pirkim), kuriame
pateikiama daugiau informacijos apie dinamin pirkimo sistem
Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [10]2014/S
142-254538 26.7.2014
IV.2.3)Orientacini pasilym dl konkreios sutarties pateikimo
terminas
20.1.2016 - 10:00
IV.2.4)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali bti parengti pasilymai
lietuvi kalba.
VI dalis: Papildoma informacija
VI.1)Papildoma informacija:
VI.2)io skelbimo isiuntimo data:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DK-Kopenhagen
Arzneimittel
Dokument Nr...: 4773-2016 (ID: 2016010809021842176)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
DK-Kopenhagen: Arzneimittel
2016/S 5/2016 4773
Amgros I/S, Dampfærgevej 22, Zu Händen von: Flemming Sonne, København Ø
2100, DÄNEMARK. Telefon: +45 88713000. Fax: +45 88713008. E-Mail:
udbud@amgros.dk
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 23.12.2015, [1]2015/S
248-451276)
Betr.:
CPV:33600000
Arzneimittel
Anstatt:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
muss es heißen:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
Udbudsnr.: 14, ATC Kode: L04AA33, Generisk navn: Vedolizumab,
Dispenseringsform: Infusionsvæske, Styrke: 300 mg, Enhedsværdi: 5,4 mg,
Mængde i enheder: 52 500.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451276-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 08/01/2016 S5 - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt
udbud
Danmark-København: Lægemidler
2016/S 005-004773
Amgros I/S, Dampfærgevej 22, Att: Flemming Sonne, København Ø 2100,
DANMARK. Telefon: +45 88713000. Fax: +45 88713008. Mailadresse:
udbud@amgros.dk
(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 23.12.2015, [1]2015/S
248-451276)
Vedr:
CPV:33600000
Lægemidler
I stedet for:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udbudsnr.: 13, ATC Kode: L04AA32, Generisk navn: Apremilast,
Dispenseringsform: Tabletter, Styrke: 10 +20+30 mg, Pakning:
Intropakning, Enhedsværdi: 60 mg, Mængde i enheder: 224.
Udbudsnr.: 14, ATC Kode: L04AA33, Generisk navn: Vedolizumab,
Dispenseringsform: Infusionsvæske, Styrke: 300 mg, Enhedsværdi: 5,4 mg,
Mængde i enheder: 52 500.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektroartikel - FR-Talence
Elektroartikel
Sanitäreinrichtungen
Metallwaren
Dokument Nr...: 4873-2016 (ID: 2016010809030442269)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
FR-Talence: Elektroartikel
2016/S 5/2016 4873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Université de Bordeaux
351 cours de la Libératon, CS 1004
Zu Händen von: Mme Hamalit, Université de Bordeaux
33405 Talence
FRANKREICH
Telefon: +33 540006039
E-Mail: [4]achats@u-bordeaux.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.u-bordeaux.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://marches-publics.gouv.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
31681410, 39715300, 44316400
Beschreibung
Elektroartikel.
Sanitäreinrichtungen.
Metallwaren.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 1 Cuivre nuCâble industriel RO2VCâble
Industriel souple HO7 RNF Fils de câblage
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Rexel
3 rue Georges Barres
33000 Bordeaux
FRANKREICH
E-Mail: [7]bordeaux@rexel.fr
Telefon: +33 556692222
Fax: +33 556692229
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 7 459,25 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 4
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 2 Incandescence domestique et halogène
Tubes fluo et lampes fluo-compactesLampes halogènes dichroïques +
capsulesLampes à ledAppliques projecteurs, réglettes, spot, tous
luminaires, architecturalLampes à déchargeLampes basse consommation.
Lampes pour voyants et témoins Piles et accus domestiques
rechargeablesBAES (bloc secours)
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Auschitzky SA
4 rue de Fieusal, BP 63
33523 Bruges
FRANKREICH
E-Mail: [8]auschitzky.elec@auschitzky.fr
Telefon: +033 556439696
Fax: +033 556439699
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 42 415,15 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 4
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 3 Colliers et attaches, rallonge, fiches,
multiprises, enrouleursConvecteurs tous types.Coffrets plastiques,
boitier industrielCoffrets étanches Polyester IP 66Armoires tôles,
métal et inoxAccessoire de câblage, Peignes, jdb, bornier, plastron,
barette de connexionAppareillage, socle prises, interrupteur, prises,
poussoir, vv, transfo de sécuritéDisjoncteurs, modulaire, compact,
interrupteur de puissanceDifférentiel modulaire, compactTélécommandes,
programmation, inter horaire, télérupteur, compteur,
détectionContacteurs et auxilliaires, contact sd, déclencheur, MN /
MXDivers bâtiment: prise industrielle P17, coffret de chantier, prises
Hypra, presse étoupe, conduit flexibleChemin de câbles aciers, dalle,
éclisse, couvercle, virage, visserie, accessoiresGoulottes, moulures,
plinthe, accessoires, coudes, embouts
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Rexel
3 rue Georges Barres
33000 Bordeaux
FRANKREICH
E-Mail: [9]bordeaux@rexel.fr
Telefon: +33 556692222
Fax: +33 556692229
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 33 993,43 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 4
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 4 BainsWCCuisine / LaboratoireAccessoires
salles de bainsFixations Appareils de collectivitésPièces
détachéesChauffe-eau et chauffe-bains. Canalisation cuivreCanalisation
PVCRaccords raccordementRobinetterie bâtiment /
vannesFixationsOutillage spécifiqueÉquipement protection
individuelleSoudageDroguerie
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lot infructueux
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 5 ClimatisationChaudières murales
gazBallons production eau chaudeRadiateursRobinetterie
radiateurÉquipement de chaufferie
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lot infructueux
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: 2015-033 Los-Nr: 6 Clef à molettesGantsLunettes et
casquesProtection auriculaireMasques respiratoiresHarnais,
antichuteSécurisation (marquage et délimitation, panneaux et trousses
de secours) Outillage à mainRangement d'outillageÉquipement d'atelier,
rangement, manutentionLames de scie / scie sauteuse / scie
circulaireTrépans et forêt TCEDisques à tronçonnerEmbout visseuse
/Porte embout magnétique/Coffret d'embout visseuseAbrasifs bois /
métauxAgrafeuses et agrafesCutters, lame et araseurs, ciseaux, emporte
pièceOutil de mesure Mètre niveau traçage Marquage et
signalisation (ex: bombes aérosol)Éclairage de chantier
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Wurth France
ZI Ouest, rue Georges Besse
67158 Erstein
FRANKREICH
E-Mail: [10]stephanie.weber@wurth.fr
Telefon: +33 388645443
Fax: +33 388646257
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 27 273,15 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 4
References
4. mailto:achats@u-bordeaux.fr?subject=TED
5. http://www.u-bordeaux.fr/
6. http://marches-publics.gouv.fr/
7. mailto:bordeaux@rexel.fr?subject=TED
8. mailto:auschitzky.elec@auschitzky.fr?subject=TED
9. mailto:bordeaux@rexel.fr?subject=TED
10. mailto:stephanie.weber@wurth.fr?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Talence: Matériels électriques
2016/S 005-004873
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Université de Bordeaux
351 cours de la Libératon, CS 1004
À l'attention de: Mme Hamalit, Université de Bordeaux
33405 Talence
FRANCE
Téléphone: +33 540006039
E-mail: [6]achats@u-bordeaux.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.u-bordeaux.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://marches-publics.gouv.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture de matériels électriques, de plomberie et d'outillage à
l'université de Bordeaux (6 lots).
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS FR612
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Le marché comprend 6 lots traités en marchés séparés, à bons de
commande mono attributaires.
Les montants annuels minimum et maximum sont les suivants:
lot 1: Électricité câblage:
Montant minimum/an: 10 000 EUR HT montant maximum/an: 150 000 EUR HT.
lot 2: Électricité éclairage:
Montant minimum/an: 10 000 EUR HT montant maximum/an: 200 000 EUR HT.
lot 3: : Électricité appareillage:
Montant minimum/an: 10 000 EUR HT montant maximum/an: 200 000 EUR HT.
lot 4: Plomberie- sanitaire:
Montant minimum/an: 30 000 EUR HT montant maximum/an: 100 000 EUR HT.
lot 5: Plomberie CVC:
Montant minimum/an: 10 000 EUR HT montant maximum/an: 50 000 EUR HT.
lot 6: Outillage consommable:
Montant minimum/an: 5 000 EUR HT montant maximum/an: 80 000 EUR HT.
Le CCTP décrit de manière détaillée les familles de produits
correspondant à chacun des lots.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
31681410, 39715300, 44316400
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 50
2. Valeur technique (mémoire). Pondération 40
3. Délais de livraison. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015-033
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 124-226923 du 1.7.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 1 - Intitulé: Les familles de produits
sont: Câblage courant faibleCuivre nuCâble industriel RO2VCâble
Industriel souple HO7 RNF Fils de câblage
V.1)Date d'attribution du marché:
17.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Rexel
3 rue Georges Barres
33000 Bordeaux
FRANCE
E-mail: [10]bordeaux@rexel.fr
Téléphone: +33 556692222
Fax: +33 556692229
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 7 459,25 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 4
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 2 - Intitulé: Les familles de produits
sont:Incandescence domestique et halogène Tubes fluo et lampes
fluo-compactesLampes halogènes dichroïques + capsulesLampes à
ledAppliques projecteurs, réglettes, spot, tous luminaires,
architecturalLampes à déchargeLampes basse consommation. Lampes pour
voyants et témoins Piles et accus domestiques rechargeablesBAES (bloc
secours)
V.1)Date d'attribution du marché:
17.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Auschitzky SA
4 rue de Fieusal, BP 63
33523 Bruges
FRANCE
E-mail: [11]auschitzky.elec@auschitzky.fr
Téléphone: +033 556439696
Fax: +033 556439699
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 42 415,15 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 4
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 3 - Intitulé: Les familles de produits
sont:Colliers et attaches, rallonge, fiches, multiprises,
enrouleursConvecteurs tous types.Coffrets plastiques, boitier
industrielCoffrets étanches Polyester IP 66Armoires tôles, métal et
inoxAccessoire de câblage, Peignes, jdb, bornier, plastron, barette de
connexionAppareillage, socle prises, interrupteur, prises, poussoir,
vv, transfo de sécuritéDisjoncteurs, modulaire, compact, interrupteur
de puissanceDifférentiel modulaire, compactTélécommandes,
programmation, inter horaire, télérupteur, compteur,
détectionContacteurs et auxilliaires, contact sd, déclencheur, MN /
MXDivers bâtiment: prise industrielle P17, coffret de chantier, prises
Hypra, presse étoupe, conduit flexibleChemin de câbles aciers, dalle,
éclisse, couvercle, virage, visserie, accessoiresGoulottes, moulures,
plinthe, accessoires, coudes, embouts
V.1)Date d'attribution du marché:
17.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Rexel
3 rue Georges Barres
33000 Bordeaux
FRANCE
E-mail: [12]bordeaux@rexel.fr
Téléphone: +33 556692222
Fax: +33 556692229
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 33 993,43 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 4
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 4 - Intitulé: Les familles de produits
sont: Lavabos vasques lave mains Douches et cabinesBainsWCCuisine
/ LaboratoireAccessoires salles de bainsFixations Appareils de
collectivitésPièces détachéesChauffe-eau et chauffe-bains. Canalisation
cuivreCanalisation PVCRaccords raccordementRobinetterie bâtiment /
vannesFixationsOutillage spécifiqueÉquipement protection
individuelleSoudageDroguerie
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Lot infructueux
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 5 - Intitulé: Les familles de produits
sont: Énergies électriquesClimatisationChaudières murales gazBallons
production eau chaudeRadiateursRobinetterie radiateurÉquipement de
chaufferie
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 0
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Lot infructueux
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 2015-033 Lot nº: 6 - Intitulé: Les familles de produits
sont: PincesClef à molettesGantsLunettes et casquesProtection
auriculaireMasques respiratoiresHarnais, antichuteSécurisation
(marquage et délimitation, panneaux et trousses de secours) Outillage à
mainRangement d'outillageÉquipement d'atelier, rangement,
manutentionLames de scie / scie sauteuse / scie circulaireTrépans et
forêt TCEDisques à tronçonnerEmbout visseuse /Porte embout
magnétique/Coffret d'embout visseuseAbrasifs bois / métauxAgrafeuses et
agrafesCutters, lame et araseurs, ciseaux, emporte pièceOutil de mesure
Mètre niveau traçage Marquage et signalisation (ex: bombes
aérosol)Éclairage de chantier
V.1)Date d'attribution du marché:
23.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Wurth France
ZI Ouest, rue Georges Besse
67158 Erstein
FRANCE
E-mail: [13]stephanie.weber@wurth.fr
Téléphone: +33 388645443
Fax: +33 388646257
V.4)Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 27 273,15 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 4
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce n° 15-97069, mise en ligne le 29.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
33000 Bordeaux
Téléphone: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Toute
décision pourra faire l'objet d'un recours: -recours administratif
auprès du président de l'université dans les 2 mois qui suivent la
notification de la décision contestée, référé pré contractuel exercé
depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la conclusion du
contrat conformément aux dispositions des articles L551-1 à L551-12 et
R551-1 à R 551-6 du code de justice administrative, référé
contractuel exercé après la conclusion du contrat conformément aux
dispositions des articles L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du code
de justice administrative, recours pour excès de pouvoir, assorti ou
non d'un référé suspension, contre un acte détachable du contrat, dans
un délai de 2 mois à compter de la publicité de cet acte, recours de
plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification
de la décision faisant grief (articles R421-1 à R421-7 du code de
justice administrative), recours de plein contentieux, assorti ou non
d'un référé suspension, contre le contrat dans un délai de 2 mois à
compter de la publicité de sa date de signature.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Brotwaren - FR-Ivry-sur-Seine
Brotwaren
Sandwiches
Tiefkühlprodukte
Dokument Nr...: 4973-2016 (ID: 2016010809034442358)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
FR-Ivry-sur-Seine: Brotwaren
2016/S 5/2016 4973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Établissement français du sang
42 88 22 852 01811
122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park bâtiment B
Kontaktstelle(n): Service juridique
94200 Ivry-sur-Seine
FRANKREICH
E-Mail: [4]marches-publics.idf@efs.sante.fr
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15811000, 15811510, 15896000
Beschreibung
Brotwaren.
Sandwiches.
Tiefkühlprodukte.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 19A15188-01 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Touflet France Pain
121-125 rue Danielle Casanova
93200 Saint-Denis
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 88 789,07 EUR
Auftrags-Nr: 19A15188-02 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Kiosque à Sandwiches
1 rue de l'Avenir
91350 Grigny
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 121 911,96 EUR
Auftrags-Nr: 19A15188-03 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Brake France Service
Les jardins d'Eole bâtiment le levant 4 allée des Séquoias
69760 Limonest
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 10 727,10 EUR
References
4. mailto:marches-publics.idf@efs.sante.fr?subject=TED
5. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
OT: 08/01/2016 S5 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Ivry-sur-Seine: Produits de panification
2016/S 005-004973
Avis dattribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Établissement français du sang
42 88 22 852 01811
122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park bâtiment B
Point(s) de contact: Service juridique
94200 Ivry-sur-Seine
FRANCE
E-mail: [6]marches-publics.idf@efs.sante.fr
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Santé
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Fourniture de produits alimentaires destinés à la restauration des
donneurs de sang de l'EFS IDF.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Les sites de l'EFS IDF, listés à l'annexe 1
du CCTP
Code NUTS FR10
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
La présente consultation a pour objet l approvisionnement de l'EFS
Ile-de-France en produits alimentaires destinés à la restauration des
donneurs de sang.
La présente consultation est allotie en 3 lots:
Lot 01: pains et viennoiserie (fraiches),
Lot 02: produits laitiers et sandwiches,
Lot 03: surgelés
La présente consultation se compose de 3 lots, chaque lot donnant lieu
à un marché, conformément aux dispositions de l'article 10 du code des
marchés publics.
Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, à compter de sa
notification.
Le marché pourra être reconduit 3 fois pour une période de 12 mois
selon les dispositions de l'article 4 du cahier des clauses
administratives Particulières.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
15811000, 15811510, 15896000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 60
2. Valeur technique. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015EFS-IDFR251
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 157-288410 du 15.8.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19A15188-01 Lot nº: 1 - Intitulé: Le présent lot a pour
objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en pains et
viennoiseries fraiches
V.1)Date d'attribution du marché:
23.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Touflet France Pain
121-125 rue Danielle Casanova
93200 Saint-Denis
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 88 789,07 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 19A15188-02 Lot nº: 2 - Intitulé: Le présent lot a pour
objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en produits laitiers
et sandwiches
V.1)Date d'attribution du marché:
4.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Kiosque à Sandwiches
1 rue de l'Avenir
91350 Grigny
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 121 911,96 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: 19A15188-03 Lot nº: 3 - Intitulé: La présente consultation a
pour objet l'approvisionnement de l'EFS Ile-de-France en surgelés
V.1)Date d'attribution du marché:
4.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Brake France Service
Les jardins d'Eole bâtiment le levant 4 allée des Séquoias
69760 Limonest
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 10 727,10 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Le marché a été conclu le 4.1.2016.
Les modalités de consultation du marché, dans le respect des principes
posés par la loi nº 78-753 du 17.7.1978, sont les suivantes: toute
demande de consultation doit être adressée à la commission d'accès aux
documents administratifs, 35 rue Saint-Dominique, 75700 Paris 07 SP
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce nº 15-125758, mise en ligne le 12.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
77008 Melun Cedex
Adresse internet: [9]http://www.ta-melun.juradm.fr/ta/melun/
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Établissement Français du Sang Ile-de-France service juridique
122-130 rue Marcel Hartmann Léa Park bâtiment B
94200 Ivry-sur-Seine
E-mail: [10]marches-publics.idf@efs.sante.fr
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Datenbankdienste - PL-Warschau
Datenbankdienste
Dokument Nr...: 5073-2016 (ID: 2016010809042742455)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
PL-Warschau: Datenbankdienste
2016/S 5/2016 5073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego
ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, ul. Prosta 69
Zu Händen von: Piotr Kmiec
00-927, 00-838 Warszawa
POLEN
Telefon: +48 224626312
E-Mail: [4]zp@icm.edu.pl
Fax: +48 224626338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.icm.edu.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
72320000
Beschreibung
Datenbankdienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 459 310 USD
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Akme Archive Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/17
02-306 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 817 995 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 459 310 USD
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 1
References
4. mailto:zp@icm.edu.pl?subject=TED
5. http://www.icm.edu.pl/
OT: 08/01/2016 S5 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Polska-Warszawa: Usugi bazy danych
2016/S 005-005073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego
ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, ul. Prosta 69
Osoba do kontaktów: Piotr Kmiec
00-927, 00-838 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224626312
E-mail: [6]zp@icm.edu.pl
Faks: +48 224626338
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.icm.edu.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
ICM-361-46/2015/WR zakup dostpu do bazy danych KNOVEL w roku 2016 dla
konsorcjum akademickiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Baza KNOVEL jest udostpniana on-line z serwera producenta i zawiera
ponad 4.500 podrczników, ksiek, baz danych, wydawnictw technicznych
i materiaów konferencyjnych pochodzcych od ponad 100 stowarzysze
naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inynierii
i nauk materiaowych. Baza jest podzielona na 32 kolekcje tematyczne
oraz 6 zasobów tzw. Premium, które s udostpniane on-line na zasadzie
rocznych subskrypcji.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
72320000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 459 310 USD
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
zwizanych z ochron wycznych praw
Zakup usugi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z
przyczyn zwizanych z ochron praw wycznych moliwy jest u jedynego
dostawcy wycznego dystrybutora dostpu do bazy danych KNOVEL
LIBRARY na Polsk.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
ICM-361-46/2015/WR
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Akme Archive Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/17
02-306 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 817 995 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 459 310 USD
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Urzd Zamówie Publicznych
Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: [8]http://uzp.gov.pl
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Krajowa Izba Odwoawcza przy Prezesie UZP
Postpu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Navigationsinstrumente - FR-Brest
Navigationsinstrumente
Dokument Nr...: 5173-2016 (ID: 2016010809055442549)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
FR-Brest: Navigationsinstrumente
2016/S 5/2016 5173
Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit
Lieferauftrag
Richtlinie 2009/81/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Marine/DCSSF/ DSSF Brest
BCRM Brest DSSF Brest secrétariat des offres SDFC/DOMA CC45
Kontaktstelle(n): Secrétariat des offres
Zu Händen von: M. le directeur du service de soutien de la flotte de
Brest
29240 Brest Cedex 9
FRANKREICH
Telefon: +33 298140686
E-Mail: [4]cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com
Fax: +33 298222998
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
38110000
Beschreibung
Navigationsinstrumente .
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 262 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Tripartite Propulsion
1 rue Louis Blériot Zone Kerhascoët
29700 Pluguffan
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 198 035,10 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Fournitures - Avis d'attribution de marché -
Procédure restreinte
France-Brest: Instruments de navigation
2016/S 005-005173
Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la
défense et de la sécurité
Fournitures
Directive 2009/81/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Marine/DCSSF/ DSSF Brest
BCRM Brest DSSF Brest secrétariat des offres SDFC/DOMA CC45
Point(s) de contact: Secrétariat des offres
À l'attention de: M. le directeur du service de soutien de la flotte de
Brest
29240 Brest Cedex 9
FRANCE
Téléphone: +33 298140686
E-mail: [6]cao_fc.dssf_brest@fr.oleane.com
Fax: +33 298222998
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Approvisionnement de matériel de radionavigation de marques diverses ou
équivalentes au profit des bâtiments de la Marine Nationale.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Code NUTS FR522
II.1.3)Information sur laccord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions:
Le présent projet de marché est soumis à la procédure de l'appel
d'offres restreint conformément aux dispositions des articles 201-i 2°,
33 et 238 à 242 du code des marchés publics.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
38110000
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
Restreinte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Prix. Pondération 90
2. Délai. Pondération 10
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
DSSFBconsult21378
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 083-147589 du 29.4.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 262 Lot nº: 1 - Intitulé: Lot unique approvisionnement de
matériel de radionavigation de marques diverses
V.1)Date d'attribution du marché:
29.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 06
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Tripartite Propulsion
1 rue Louis Blériot Zone Kerhascoët
29700 Pluguffan
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 198 035,10 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte
35044 Rennes Cedex
E-mail: [8]greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone: +33 10299250366
Adresse internet: [9]http://www.justice.gouv.fr
Fax: +33 10299635684
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Voies et
délais de recours:
référé contractuel (article L 551-13 du CJA) dans un délai de 31
jours à compter de la publication du présent avis d'attribution;
recours en contestation de validité du contrat (recours de pleine
juridiction prévu par la décision du Conseil d'État du 16.7.2007,
société Tropic travaux signalisation, n° 291545) par tout candidat
évincé, assorti, le cas échéant de conclusions indemnitaires, dans un
délai de 2 mois à compter de la publicité de la conclusion du marché;
recours indemnitaire (article R421-1 et suivants du CJA), dans les 2
mois à compter d'une décision expresse, ou sans délai pour une décision
implicite, rejetant une demande préalable, et sous réserve des
dispositions relatives à la prescription quadriennale);
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
greffe du tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 contour
de la Motte, 35044 Rennes Cedex (tél. 299250366 fax 299635684
courriel: [10]greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet (URL):
[11]www.justice.gouv.fr
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Gebäudereinigung - DE-München
Gebäudereinigung
Fensterreinigung
Dokument Nr...: 5273-2016 (ID: 2016010809065242635)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
DE-München: Gebäudereinigung
2016/S 5/2016 5273
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Arbeitsgericht München
Winzererstr. 106
Zu Händen von: Herrn Franz Kraska
80797 München
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8930619255
E-Mail: [6]Haushalt@arbg-m.bayern.de
Fax: +49 8930619388
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Sonstige: Rechtsprechung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Innenglasreinigung,
Terrassen- und Innenhofreinigung, Mattenservice im Arbeitsgericht
München.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr 14: Gebäudereinigung und Hausverwaltung
NUTS-Code DE212
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Innenglasreinigung,
Terrassen- und Innenhofreinigung, Mattenservice.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90911200, 90911300
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Unterhaltsreinigung: Ca. 6 900 m² Reinigungsfläche; Glas- und
Rahmenreinigung: Ca. 975 m² Reinigungsfläche; Innenglasreinigung: Ca.
185 m² Reinigungsfläche; Terrassen- und Innenhofreinigung: Ca. 775 m²
Reinigungsfläche; Mattenservice: Saugen und Reingen von 3 Matten im
Gerichtsgebäude.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der
Auftraggeber als Option den Vertrag jeweils um ein Jahr verlängern. Der
Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Ausübung der Verlängerungsoption
spätestens 6 Monate vor Vertragsende schriftlich mitzuteilen.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.7.2016. Abschluss 30.6.2021
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Beliebige Rechtsform, sofern gesamtschuldnerische Haftung und ein
Mitglied der Bietergemeinschaft als bevollmächtigter Vertreter genannt
wird. Die Mitglieder einer Bietergemeinschaft können nicht gleichzeitig
als einzelne Bieter am Vergabeverfahren teilnehmen.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: 1. Erklärung,dass sich das Unternehmen nicht in
Liquidation befindet und kein Insolvenzverfahren anhängig ist.
2. Erklärung, dass er seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern u.
Abgaben sowie Sozialversicherungsbeiträgen erfüllt hat.
3. Erklärung über Straf- und Bußgeldverfahren nach § 21 AEntG.
4. Erklärung, dass er ordnungsgemäß ins Berufs- oder Handelsregister
nach Maßgabe der Rechtsvorschrift des Landes eingetragen ist.
5. Erklärung, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von
Korruption ergriffen werden, hierbei keine strafbaren Handlungen
begangen werden, Mitarbeitern des Auftraggebers keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten werden und Dritte nicht zu vorgenannten
Handlungen angestiftet werden(Antikorruptionserklärung).
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: 1. Erklärung zu Betriebshaftpflichtversicherung
mit Deckungssummen:
2 500 000 EUR für Personenschäden; Sach-/Umwelt- und Vermögensschäden;
500 000 EUR für Allmählichkeits-, Obhuts- und Bearbeitungsschäden;
100 000 EUR für Schlüsselverluste.
2. Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre soweit er vergleichbare
Leistungen betrifft.
3. Angabe der Mitarbeiterzahl der letzten 3 Geschäftsjahre.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
1. Angabe von mind. 3 Referenzen vergleichbarer Aufträge mit
Ansprechpartner seitens des jeweiligen Auftraggebers, Art der
Dienstleistung, Auftragszeitraum, Auftragsvolumen.
2. Darstellung des unternehmensweit eingesetzten
Qualitätsmanagementsystems.
3. Darstellung des unternehmensweit eingesetzten
Umweltmanagementsystems.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand
vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen
Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der
Dienstleistung verantwortlich sind: ja
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
D III 1/2/15
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 15.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Objektbesichtigungen werden angeboten am 25.1.2016 und 1.2.2016.
Treffpunkt ist jeweils um 10:00 Uhr im Foyer des Arbeitsgericht
München, Winzererstraße 106, 80797 München.
Anmeldung per Email bei Herrn Franz Kraska unter
[7]haushalt@arbg-m.bayern.de inkl. Angabe der teilnehmenden Personen
(maximal 2 Personen).
Die Teilnahme an einer Objektbesichtigung ist verpflichtend.
Einwände, dass ein Bieter über die örtlichen Gegebenheiten nicht
ausreichend informiert war, können nicht geltend gemacht werden.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
80534 München
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf
§ 107 (3) GWB wird verwiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist insbesondere
unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
S.o. VI.4.1)
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
5.1.2016
References
6. mailto:Haushalt@arbg-m.bayern.de?subject=TED
7. mailto:haushalt@arbg-m.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen - SE-Borlänge
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 5373-2016 (ID: 2016010809080442731)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
SE-Borlänge: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2016/S 5/2016 5373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
SE-781 89 Borlänge
SCHWEDEN
Telefon: +46 771921921
E-Mail: [4]lars-goran.tornlund@trafikverket.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.trafikverket.se
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
KVERKET
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
KVERKET
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros
und Prüfstellen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
29.2.2016 - 23:59
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Schwedisch.
References
4. mailto:lars-goran.tornlund@trafikverket.se?subject=TED
5. http://www.trafikverket.se/
6. http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
7. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFIKVERKET
8. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFIKVERKET
OT: 08/01/2016 S5 - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet
förfarande
Sverige-Borlänge: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2016/S 005-005373
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
SE-781 89 Borlänge
SVERIGE
Telefon: +46 771921921
E-post: [6]lars-goran.tornlund@trafikverket.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: [7]http://www.trafikverket.se
Upphandlarprofil:
[8]http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163
Elektronisk tillgång till information:
[9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAFI
KVERKET
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar:
[10]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=154948&B=TRAF
IKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument
för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan
erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
kontaktpunkt(er)
I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Specialistkompetens inom RFID.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur,
därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Borlänge.
NUTS-kod SE
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Uppdraget består i att bistå Trafikverket med Specialistkompetens inom
området RFID.
I investeringsprojektet ska konsulten ha ansvaret för val av nya
platser för installationer där faktorer som utrymme, tågföring,
kommunikation, el etc. ska beaktas. Underlaget ligger till grund för
den projektering som ska göras inför byggnation. Konsulten ska
samarbeta nära med den projektering och byggnation som utförs av för
uppdraget särskilda entreprenörer.
Konsulten ska även vara stöd till Trafikverket vid införande av RFID i
verksamheten. Kompetensen inom RFID ligger till grund för hur tekniken
kan användas i olika sammanhang såsom underhåll och fordonslogistik.
Även i samarbetet med GS1 ska konsulten stödja Trafikverket och bidra
med sin tekniska kompetens.
Förutom stöd genom kompetens kan även konsulten få ansvaret att
självständigt driva frågor inom RFID inom Trafikverket eller som
Trafikverkets representant i externa sammanhang.
Konsulten ska kunna vara tillgänglig i hela Sverige samt
internationellt eftersom arbetet kan ske i hela Trafikverkets område,
samt även vid internationella mässor, konferenser och seminarier, samt
vid kontakter med leverantörer, organisationer, järnvägsoperatörer och
infrastrukturägare.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
71000000
II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms: 3 300 000 SEK
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en
beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.7.2016. Datum för slutförande 30.6.2018
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas
kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive
krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den
personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud
eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller
dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de
kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud
eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
CTM Idnr 131366
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
29.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna
anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.5.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bank- und Investmentdienstleistungen - FR-Clermont-Ferrand
Bank- und Investmentdienstleistungen
Dokument Nr...: 5473-2016 (ID: 2016010809093642847)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
FR-Clermont-Ferrand: Bank- und Investmentdienstleistungen
2016/S 5/2016 5473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Conseil régional d'Auvergne
59 boulevard Léon Jouhaux, CS 90706
Zu Händen von: Mme Ulrich Camille
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANKREICH
Telefon: +33 473318585
Fax: +33 473318623
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]http://www.auvergne.fr/
Adresse des Beschafferprofils:
[5]http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66100000
Beschreibung
Bank- und Investmentdienstleistungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 5DEA0025 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sofimac SA
24 avenue de l'Agriculture
63100 Clermont-Ferrand
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 201 100 EUR
References
4. http://www.auvergne.fr/
5. http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
OT: 08/01/2016 S5 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Clermont-Ferrand: Services bancaires et d'investissement
2016/S 005-005473
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Conseil régional d'Auvergne
59 boulevard Léon Jouhaux, CS 90706
À l'attention de: Mme Ulrich Camille
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
FRANCE
Téléphone: +33 473318585
Fax: +33 473318623
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [6]http://www.auvergne.fr/
Adresse du profil dacheteur:
[7]http://www.marches.local-trust.com/cr-auvergne/
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6b:
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Sélection d'un intermédiaire financier en charge de créer et gérer un
fonds de capital amorçage et démarrage destiné au financement de
l'innovation dans le cadre de la stratégie et du d'investissement du
fonds de participation Jérémie Auvergne 2.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66100000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Composition de l'équipe dédiée à l'exécution de la prestation.
Pondération 10
2. Modalités d'organisation et de gestion du fonds. Pondération 25
3. Pertinence de la stratégie de gestion du fonds. Pondération 25
4. Coût de la rémunération. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
5DEA0025
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [8]2015/S 200-362948 du 15.10.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5DEA0025 Lot nº: 1 - Intitulé: Sélection d'un intermédiaire
financier en charge de créer et de gérer un fonds de capital amorçage
et démarrage destiné au financement de l'innovation dans le cadre de la
stratégie d'investissement du fonds de participation Jérémie Auvergne 2
V.1)Date d'attribution du marché:
9.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Sofimac SA
24 avenue de l'Agriculture
63100 Clermont-Ferrand
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 201 100 EUR
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s):
VI.2)Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-156105, mise en ligne le 13.10.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
E-mail: [9]greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Téléphone: +33 473146100
Fax: +33 473146122
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
53 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
E-mail: [10]dr69-titss@sante.gouv.fr
Téléphone: +33 472770520
Fax: +33 478928316
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand Cedex 01
Téléphone: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.4)Date denvoi du présent avis:
5.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bankdienstleistungen - CZ-Prag
Bankdienstleistungen
Einlagengeschäft
Internationaler Zahlungstransfer
Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
Dokument Nr...: 5573-2016 (ID: 2016010809104342939)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
CZ-Prag: Bankdienstleistungen
2016/S 5/2016 5573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Univerzita Karlova v Praze
00216208
Ovocný trh 560/5
Kontaktstelle(n): Ekonomický odbor RUK
Zu Händen von: Ing. Zuzana Beníková
110 00 Praha
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 224491536
E-Mail: [4]vyberbank@ruk.cuni.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.cuni.cz
Adresse des Beschafferprofils:
[6]http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c
-1f0fbfca1fee
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66110000, 66112000, 66115000, 66172000
Beschreibung
Bankdienstleistungen.
Einlagengeschäft.
Internationaler Zahlungstransfer.
Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 5 615 000 CZK
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
eská spoitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
TSCHECHISCHE REPUBLIK
E-Mail: [7]pchlupac@csas.cz
Telefon: +420 956714454
Internet-Adresse: [8]http://www.csas.cz/
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 38 000 000 CZK
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 615 000 CZK
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 48
References
4. mailto:vyberbank@ruk.cuni.cz?subject=TED
5. http://www.cuni.cz/
6. http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee
7. mailto:pchlupac@csas.cz?subject=TED
8. http://www.csas.cz/
OT: 08/01/2016 S5 - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
ízení
eská republika-Praha: Bankovnictví
2016/S 005-005573
Oznámení o zadání zakázky
Sluby
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Univerzita Karlova v Praze
00216208
Ovocný trh 560/5
Kontaktní místo: Ekonomický odbor RUK
K rukám: Ing. Zuzana Beníková
110 00 Praha
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 224491536
E-mail: [6]vyberbank@ruk.cuni.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.cuni.cz
Adresa profilu kupujícího:
[8]http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c
-1f0fbfca1fee
I.2)Druh veejného zadavatele
Veejnoprávní instituce
I.3)Hlavní pedmt innosti
kolství
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce
Poskytování bankovních slueb pro Univerzitu Karlovu v Praze.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Sluby
Kategorie slueb . 6: Finanní sluby a) Pojiovací sluby b)
Bankovní a investiní sluby
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
eská republika.
Kód NUTS CZ0
II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
(DNS)
II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
Pedmtem veejné zakázky jsou standardní bankovní sluby, zahrnující
zejména vedení nkolika bných út, spoících út a krátkodobých
termínovaných vklad (s dobou splatnosti do 1 msíce).
Vedení bných út zahrnuje zejména následující sluby:
poskytování tuzemského a zahraniního platebního styku,
výbr hotovosti u pepáky a v bankomatech,
vedení platebních karet,
akceptace platebních karet na terminálech i prostednictvím
internetu,
zajitní dálkového zpracování dat,
zajitní výplat stipendií pro studenty vyjídjící a pijídjící v
rámci programu Erasmus+. Bankovní sluby spojené se zhodnocením volných
finanních prostedk vetn termínovaných vklad s dobou splatnosti
nad 1 msíc jsou z veejné zakázky vylenny. Z dvodu rozloení rizika
se zadavatel rozhodl pro výbr 2 bankovních institucí, které si rozdlí
portfolio poptávaných bankovních slueb.
II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
66110000, 66112000, 66115000, 66172000
II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
Hodnota: 5 615 000 CZK
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska
1. Nabídková cena. Váha 90
2. Poet vlastních poboek uchazee na území hlavního msta Prahy. Váha
10
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Byla pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
Oznámení pedbných informací
íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 091-163730 ze dne 12.5.2015
Oznámení o zakázce
íslo oznámení v Ú. vst: [10]2015/S 159-292356 ze dne 19.8.2015
Oddíl V: Zadání zakázky
ást zakázky .: 1 - Název: Poskytování bankovních slueb pro
Univerzitu Karlovu v Praze Banka 1
V.1)Datum zadání zakázky:
22.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 5
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
eská spoitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [11]pchlupac@csas.cz
Tel.: +420 956714454
Internetová adresa: [12]http://www.csas.cz/
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 38 000 000 CZK
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 5 615 000 CZK
Pokud jde o roní i msíní hodnotu:
poet msíc: 48
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
VI.3)Odvolací ízení
VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [13]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [14]http://www.uohs.cz
VI.3.2)Podání odvolání
Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doruit do
15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu Zadavatele, který
napadá, nejpozdji vak do doby uzavení smlouvy. Zadavatel je povinen
námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné doruit ÚOHS i Zadavateli do
10 dn od doruení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od
odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [15]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [16]https://www.uohs.cz
Fax: +420 542167115
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen im Energiebereich - HU-Szentendre
Dienstleistungen im Energiebereich
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
Durchführbarkeitsstudie
Planungsleistungen im Bauwesen
Technische Kontrolle und Tests
Architekturentwurf
Dokument Nr...: 5673-2016 (ID: 2016010809113443037)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
HU-Szentendre: Dienstleistungen im Energiebereich
2016/S 5/2016 5673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
ÉMI Építésügyi Minségellenrz Innovációs Nonprofit Kft.
AK09494
Dózsa György út 26.
Zu Händen von: Katona-Fábián Viktória
2000 Szentendre
UNGARN
Telefon: +36 13726100
E-Mail: [4]info@emi.hu
Fax: +36 13868794
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.emi.hu
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71314000, 71242000, 79314000, 71320000, 71630000, 71220000
Beschreibung
Dienstleistungen im Energiebereich.
Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung.
Durchführbarkeitsstudie.
Planungsleistungen im Bauwesen.
Technische Kontrolle und Tests.
Architekturentwurf.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 149 500 000 HUF
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Ezerjó út 10.
9011 Gyr
UNGARN
E-Mail: [6]info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 111 000 000 HUF
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 149 500 000 HUF
ohne MwSt
References
4. mailto:info@emi.hu?subject=TED
5. http://www.emi.hu/
6. mailto:info@tspc.hu?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás
eredményérl - Nyílt eljárás
Magyarország-Szentendre: Energetikai és azzal kapcsolatos
szolgáltatások
2016/S 005-005673
Tájékoztató az eljárás eredményérl
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
ÉMI Építésügyi Minségellenrz Innovációs Nonprofit Kft.
AK09494
Dózsa György út 26.
Címzett: Katona-Fábián Viktória
2000 Szentendre
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13726100
E-mail: [6]info@emi.hu
Fax: +36 13868794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér általános címe: [7]www.emi.hu
I.2)Az ajánlatkér típusa
Közjogi intézmény
I.3)F tevékenység
Egyéb: természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés,
minség-ellenrzés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerzdés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
Erzsébet szálloda, Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.),
energetikai audit, tervezési és egyébfeladatok elvégzése.
II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások;
mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefügg
tudományos és mszaki tanácsadási szolgáltatások; mszaki vizsgálati és
elemz szolgáltatások
A teljesítés helye: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82. és
ajánlatkér székhelye.
NUTS-kód HU101
II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Erzsébet szálloda, Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.),
energetikai auditok, fejlesztési javaslatok elkészítése. Árazatlan
költségvetési kiírások elkészítése, költségbecslések, változatelemzések
elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Engedélyezési
tervek elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció mszaki leírásainak
elkészítése, feltételes közbeszerzés dokumentumainak elkészítése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71314000, 71242000, 79314000, 71320000, 71630000, 71220000
II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
igen
II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
Érték: 149 500 000 HUF
Áfa nélkül
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó ajánlati ár.. Súlyszám 80
2. Szakmai ajánlat minsége.. Súlyszám 20
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 170-309886 3.9.2015
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerzdés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Erzsébet szálloda,
Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 82.), energetikai audit,
tervezési és egyébfeladatok elvégzése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
23.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Ezerjó út 10.
9011 Gyr
MAGYARORSZÁG
E-mail: [9]info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Fax: +36 18009192
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 111 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 149 500 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerzdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történ teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Építmények
gépészeti tervezése, építményvillamossági tervezés, energetikai
tanúsítás.
VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az Erzsébet-program
végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális kampuszok
létrehozásáról szóló kormány-elterjesztésben nevesített egyes
létesítmények energiahatékonysági beruházásainak elkészítése.
KEOP-7.9.0/12-2014-0035.
VI.2)További információk:
A nyertes Kkv-törvény szerinti besorolása: mikrovállalkozás.
Ajánlattevk:
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Ülli út 455.),
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.,
MÉP Építmérnöki Kft. (1095 Budapest, Tinódi u. 6.),
Top-kvalitás Kft. (2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [10]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: [11]www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
következ szervtl szerezhet be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: [13]www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Gartenbau - SK-Trenín
Dienstleistungen im Gartenbau
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Grundstückspflege
Anlegen von Rasen
Dokument Nr...: 573-2016 (ID: 2016010209303037854)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
SK-Trenín: Dienstleistungen im Gartenbau
2016/S 1/2016 573
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Mesto Trenín
00312037
Mierové námestie 2
Kontaktstelle(n): Mierové námestie . 2, 911 64 Trenín, Slovensko
Zu Händen von: Mgr. Martina Trenanová
911 64 Trenín
SLOWAKEI
Telefon: +421 326504265
E-Mail: [4]trencanova@trencin.sk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
Beschreibung
Dienstleistungen im Gartenbau.
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
Grundstückspflege.
Anlegen von Rasen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 16.2.2016 - 10:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.2.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
References
4. mailto:trencanova@trencin.sk?subject=TED
OT: 02/01/2016 S1 - - Sluby - Oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania - Verejná súa
Slovensko-Trenín: Záhradnícke sluby
2016/S 001-000573
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Sluby
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávate
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Mesto Trenín
00312037
Mierové námestie 2
Kontaktné miesto (miesta): Mierové námestie . 2, 911 64 Trenín,
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trenanová
911 64 Trenín
SLOVENSKO
Telefón: +421 326504265
E-mail: [6]trencanova@trencin.sk
alie informácie mono získa na adrese: Vyie uvedené kontaktné
miesto/miesta
Súané a doplujúce podklady (vrátane podkladov pre súaný dialóg a
dynamický nákupný systém) mono získa na adrese: Vyie uvedené
kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo iadosti o úas sa musia zasiela na: Vyie uvedené
kontaktné miesto/miesta
I.2)Druh verejného obstarávatea
Regionálny alebo miestny orgán
I.3)Hlavná innos
Iné: plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu
tátnej správy
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateov
Verejný obstarávate nakupuje v mene iných verejných obstarávateov:
nie
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateom:
Kosenie verejnej zelene.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutoovania prác, dodania tovarov alebo
poskytovania sluieb
Sluby
Kategória sluieb . 27: Ostatné sluby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutoovania prác, dodania tovarov alebo
poskytovania sluieb: Územie mesta Trenín.
Kód NUTS SK022
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom
nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zaha uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzaom
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej
dohody
Predpokladaná hodnota bez DPH: 928 475,26 EUR
II.1.5)Struný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytnutie sluieb kosenia verejnej zelene na
území mesta Trenín s odvozom a znekodnením uskladnením BIO odpadu
na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia.
Zákazka je rozdelená na 4 samostatné asti:
1. as: Kosenie Sever;
2. as: Kosenie Stred;
3. as: Kosenie Západ;
4. as: Kosenie JUH + ruderál.
Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
podkladoch.
II.1.6)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)asti
Táto zákazka sa delí na asti: áno
Ponuky mono predklada na jednu alebo viac astí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijíma: nie
II.2)Mnostvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové mnostvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 928 475,26 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokonenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
Informácie o astiach
as .: 1 Názov: Kosenie Sever
1)Struný opis
Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti SeveR
o výmere 275 604 m², s odvozom a znekodnením uskladnením BIO odpadu
na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
zákazky budú súasou súaných podkladov.
Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
podkladoch.
2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
3)Mnostvo alebo rozsah
275 604 m2.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 187 410,67 EUR
4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
5)Doplujúce informácie o astiach
Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
zmlúv na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
as .: 2 Názov: Kosenie STRED
1)Struný opis
Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti Stred
o výmere 313 924 m², s odvozom a znekodnením uskladnením BIO odpadu
na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
zákazky budú súasou súaných podkladov.
Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
podkladoch.
2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
3)Mnostvo alebo rozsah
313 924 m².
Predpokladaná hodnota bez DPH: 213 468,32 EUR
4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
5)Doplujúce informácie o astiach
Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
zmlúv na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
as .: 3 Názov: Kosenie Západ
1)Struný opis
Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti ZÁPAD
o výmere 59 469 m², s odvozom a znekodnením uskladnením BIO odpadu
na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do roka s
tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové podklady
pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti predmetu
zákazky budú súasou súaných podkladov.
Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
podkladoch.
2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
3)Mnostvo alebo rozsah
59 469 m².
Predpokladaná hodnota bez DPH: 40 438 EUR
4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
5)Doplujúce informácie o astiach
Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
zmlúv na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
as .: 4 Názov: Kosenie JUH + ruderál
1)Struný opis
Kosenie pozemkov vo vlastníctve mesta Trenín v mestskej asti JUH a
ruderálu o výmere 386542 m², s odvozom a znekodnením uskladnením BIO
odpadu na urenej skládke. Kosenie sa bude vykonáva minimálne 4 x do
roka s tým, e posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mapové
podklady pre konkrétne plochy a zoznamy ulíc patriacich do tejto asti
predmetu zákazky budú súasou súaných podkladov.
Bliie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súaných
podkladoch.
2)Spoloný slovník obstarávania (CPV)
77300000, 77310000, 77314000, 77314100
3)Mnostvo alebo rozsah
386542 m2.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 487 157,47 EUR
4)Údaje o odlinom trvaní zákazky alebo lehotách uskutonenia
5)Doplujúce informácie o astiach
Uchádza môe predloi ponuku poda svojho rozhodnutia na ktorúkovek
jednu as, viac astí alebo aj súasne na vetky asti predmetu
obstarávania. Výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie spolu 4
zmlúv na kadú as zákazky jedna zmluva s jedných uchádzaom.
V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude postupova v
zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finanné a technické informácie
III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Poadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa vyaduje pre as 2 a as 4 zákazky nasledovne:
18.A Zábezpeka as 2:
18.A.1 zábezpeka ponúk sa vyaduje vo výke 3 000 EUR (slovom: tritisíc
EUR).
18.A 2 verejný obstarávate umouje uchádzaovi zloi zábezpeku
formou:
18.A 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzaa:
poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313322 zákona
. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorích predpisov,
záruná listina môe by vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobokou zahraninej banky v Slovenskej republike alebo
zahraninou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môe by v zárunej
listine obmedzená do 30.9.2016 s tým, e v zárunej listine musí by
výslovne uvedená monos jej predenia v prípade predenia lehoty
viazanosti ponúk a do uplynutia novej lehoty viazanosti,
v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný
obstarávate túto skutonos uchádzaovi. V tomto prípade je povinný
uchádza poiada banku o predenie platnosti bankovej záruky na celú
dobu, o ktorú verejný obstarávate predi lehotu viazanosti. Uchádza
je následne povinný dorui verejnému obstarávateovi originál alebo
úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude
jasne vyplýva, e banka predluje platnos bankovej záruky na celú (aj
predenú) lehotu viazanosti urenú verejným obstarávateom. Uchádza
musí dorui doklad vydaný bankou (t. z. doklad o predení doby
platnosti bankovej záruky po celú predenú lehotu viazanosti ponúk) v
lehote do 10 dní odo da doruenia oznámenia verejného obstarávatea o
predení lehoty viazanosti uchádzaovi. V prípade, ak uchádza tento
doklad od banky nepredloí v lehote do 10 dní odo da doruenia
oznámenia verejného obstarávatea o predení lehoty viazanosti
uchádzaovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, e banka predluje
dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný
obstarávate predil lehotu viazanosti (t. z. a do posledného da
novej predenej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzaa
vylúená z tejto zákazky,
záruná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, e uspokojí
verejného obstarávatea (veritea) za uchádzaa do výky finanných
prostriedkov, ktoré verejný obstarávate (verite) poaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzaa, musí by súasou ponuky,
ak záruná listina nebude súasou ponuky alebo ak záruná listina
nebude vystavená v súlade s pokynmi uvedenými v týchto podkladoch alebo
nebude výslovne obsahova monos jej predenia v prípade predenia
lehoty viazanosti ponúk a do uplynutia posledného da novej predenej
lehoty viazanosti ponúk, bude uchádza zo zákazky vylúený;
18.A.2.2. zloenia finanných prostriedkov v prislúchajúcej výke 3 000
EUR na úet verejného obstarávatea:
Bankové spojenie: eskoslovenská obchodná banka, a.s., korporátna
poboka Trenín, . útu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS:
(2015000010).
Finanné prostriedky v urenej výke musia by pripísané na úet
verejného obstarávatea najneskôr do momentu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ak finanné prostriedky nebudú zloené na úet
verejného obstarávatea poda podmienok uvedených v týchto podkladoch,
bude ponuka tohto uchádzaa vylúená. Vetky poplatky a iné náklady
spojené s prevodom finanných prostriedkov na úet verejného
obstarávatea znáa uchádza. To znamená, e na úet verejného
obstarávatea musí by pripísaná zábezpeka v prislúchajúcej výke, inak
bude ponuka tohto uchádzaa vylúená.
18 B Zábezpeka as 4:
18.B.1 zábezpeka ponúk sa vyaduje vo výke 5 000 EUR (slovom: tritisíc
EUR);
18.B 2 verejný obstarávate umouje uchádzaovi zloi zábezpeku
formou:
18.B 2.1 poskytnutia bankovej záruky za uchádzaa:
poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313322 zákona
. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorích predpisov,
záruná listina môe by vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobokou zahraninej banky v Slovenskej republike alebo
zahraninou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môe by v zárunej
listine obmedzená do 30.9.2016 s tým, e v zárunej listine musí by
výslovne uvedená monos jej predenia v prípade predenia lehoty
viazanosti ponúk a do uplynutia novej lehoty viazanosti,
v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný
obstarávate túto skutonos uchádzaovi. V tomto prípade je povinný
uchádza poiada banku o predenie platnosti bankovej záruky na celú
dobu, o ktorú verejný obstarávate predi lehotu viazanosti. Uchádza
je následne povinný dorui verejnému obstarávateovi originál alebo
úradne overenú fotokópiu dokladu vystaveného bankou, z ktorého bude
jasne vyplýva, e banka predluje platnos bankovej záruky na celú (aj
predenú) lehotu viazanosti urenú verejným obstarávateom. Uchádza
musí dorui doklad vydaný bankou (t. z. doklad o predení doby
platnosti bankovej záruky po celú predenú lehotu viazanosti ponúk) v
lehote do 10 dní odo da doruenia oznámenia verejného obstarávatea o
predení lehoty viazanosti uchádzaovi. V prípade, ak uchádza tento
doklad od banky nepredloí v lehote do 10 dní odo da doruenia
oznámenia verejného obstarávatea o predení lehoty viazanosti
uchádzaovi, alebo ak z tohto dokladu nebude jasné, e banka predluje
dobu platnosti bankovej záruky na celú dobu, o ktorú verejný
obstarávate predil lehotu viazanosti (t. z. a do posledného da
novej predenej lehoty viazanosti ponúk), bude ponuka tohto uchádzaa
vylúená z tejto zákazky,
záruná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, e uspokojí
verejného obstarávatea (veritea) za uchádzaa do výky finanných
prostriedkov, ktoré verejný obstarávate (verite) poaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzaa, musí by súasou ponuky,
ak záruná listina nebude súasou ponuky alebo ak záruná listina
nebude vystavená v súlade s pokynmi uvedenými v týchto podkladoch alebo
nebude výslovne obsahova monos jej predenia v prípade predenia
lehoty viazanosti ponúk a do uplynutia posledného da novej predenej
lehoty viazanosti ponúk, bude uchádza zo zákazky vylúený;
18.B.2.2. zloenia finanných prostriedkov v prislúchajúcej výke 3 000
EUR na úet verejného obstarávatea:
Bankové spojenie: eskoslovenská obchodná banka, a.s., korporátna
poboka Trenín, . útu: SK70 7500 0000 0000 2587 3633, VS:
(2015000011).
Finanné prostriedky v urenej výke musia by pripísané na úet
verejného obstarávatea najneskôr do momentu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ak finanné prostriedky nebudú zloené na úet
verejného obstarávatea poda podmienok uvedených v týchto podkladoch,
bude ponuka tohto uchádzaa vylúená. Vetky poplatky a iné náklady
spojené s prevodom finanných prostriedkov na úet verejného
obstarávatea znáa uchádza. To znamená, e na úet verejného
obstarávatea musí by pripísaná zábezpeka v prislúchajúcej výke, inak
bude ponuka tohto uchádzaa vylúená.
Pre vetky asti zákazky, na ktoré sa vyaduje zábezpeka:
18.3 v prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky musí
by doklad o bankovej záruke súasou predloenej súanej ponuky ako
originál (nestaí overená fotokópia!!!). V prípade, ak sa zábezpeka
realizuje formou zloenia fin. prostriedkov na úet verejného
obstarávatea, musí by doklad o poukázaní finanných prostriedkov na
vyie uvedený úet verejného obstarávatea tie súasou ponuky, avak
postauje predloenie kópie dokladu o poukázaní finanných prostriedkov
na vyie uvedený úet verejného obstarávatea (prípadne ak bude úhrada
realizovaná cez internetbanking postauje aj vytlaený doklad z PC);
18.4 podmienky vrátenia zábezpeky:
18.4.1 vrátenie zloených finanných prostriedkov na úet uchádzaa:
18.4.1.1 ak uchádza zloil zábezpeku zloením finanných prostriedkov
na bankový úet verejného obstarávatea poda bodu 18.2.2, verejný
obstarávate ju vráti aj s úrokmi, ak ich banka verejnému
obstarávateovi poskytuje;
18.4.1.2 verejný obstarávate uvoní zábezpeku najneskôr do siedmich
dní od uzavretia zmluvy;
18.4.2 uvonenie zábezpeky poskytnutej bankovou zárukou za uchádzaa:
Ak uchádza zloil zábezpeku formou bankovej záruky, táto banková
záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak verejný
obstarávate (verite) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky poas doby jej platnosti;
18.5 podmienky uvonenia zábezpeky:
Verejný obstarávate uvoní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
uchádzaovi zábezpeku do siedmich dní, ak:
a) uchádza nesplnil podmienky úasti vo verejnom obstarávaní a verejný
obstarávate ho vylúil z verejného obstarávania a uchádza nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávatea v lehote poda § 138
ods. 5 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; alebo
b) vylúil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádza nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávatea v lehote poda § 138
ods. 5 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
18.6 ak verejný obstarávate zruí pouitý postup zadávania zákazky,
bezodkladne vráti zábezpeku uchádzaovi;
18.7 v prípade predenia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naalej
zabezpeuje viazanos ponuky a do uplynutia predenej lehoty
viazanosti ponúk;
18.8 zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávatea, ak
uchádza:
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk (poas lehoty
viazanosti ponúk je uchádza viazaný svojou ponukou),
ak v prípadoch poda § 32 ods. 11 nepredloí doklady v ase a
spôsobom ureným verejným obstarávateom alebo predloí doklady, ktoré
sú sfalované alebo inak pozmenené tak, e nezodpovedajú skutonosti a
majú alebo by mohli ma vplyv na posúdenie osobného postavenia,
finanného postavenia a ekonomického postavenia alebo technickej alebo
odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech
alebo ak neposkytne súinnos poda § 45 ods.9. zákona . 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorích predpisov.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz
na prísluné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpotu mesta Trenín verejného
obstarávatea. Verejný obstarávate neposkytne preddavok alebo zálohu
na plnenie zmluvy. Platba za predmet zákazky sa bude realizova
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Podkladom pre
úhradu ceny za vykonávanie sluieb bude faktúra vystavená úspeným
uchádzaom zmluvnou stranou 2 vdy po ukonení kosenia realizovaného
na základe objednávky, Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo da jej
doruenia zmluvnej strane 1 verejnému obstarávateovi.
alie podmienky financovania sú uvedené v asti B.3 súaných
podkladov Obchodné podmienky poskytnutia sluieb predmetu
obstarávania.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvori skupina hospodárskych
subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)alie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Osobitné ustanovenie týkajúce sa uzavretia
zmluvy.
Kadý uchádza predloí vo svojej ponuke estné vyhlásenie (poda bodu
16.1.10 asti A.1 súaných podkladov) o tom, e pri plnení zmluvy bude
disponova technickým a personálnym vybavením schopným zrealizova
predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve. To znamená, e verejný
obstarávate nevyaduje, aby uchádzai disponovali týmto strojovým a
personálnym vybavením u v ase predloenia ponuky, ale uvedené bude
vyadova len od uchádzaa, ktorý sa v danej asti zákazky stane
úspeným a verejný obstarávate s ním bude chcie uzatvori zmluvu.
Úspený uchádza je povinný verejnému obstarávateovi do 30 dní odo da
uplynutia lehoty poda § 45 ods. 2 a 7 zákona o verejnom obstarávaní
preukáza, e disponuje technickým a personálnym vybavením schopným
zrealizova predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve. Verejný
obstarávate poaduje preukáza aspo nasledovné technické a personálne
vybavenie:
as 1: 3 ks kosaka a 3 ks krovinorez, 6 osôb,
as 2: 4 ks kosaka a 3 ks krovinorez, 7 osôb,
as 3: 2 ks kosaka a 2 ks krovinorez, 4 osoby,
as 4: 5 ks kosaka a 4 ks krovinorez, 9 osôb.
S uvedením názvu resp. typu technického vybavenia, roku výroby a
krátkeho popisu jeho technického urenia a vlastníka uvedeného
technického vybavenia. Zárove úspený uchádza predloí doklady o
disponibilite (útovné doklady o zakúpení, technické
preukazy/osvedenia, zmluvné zabezpeenie (prenájom/výpoika,...),
útovné doklady alebo inventárne karty, resp. iné vhodné dokumenty
preukazujúce disponibilitu s uvádzaným zariadením.
U osôb uvedenie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp.
obchodné meno, sídlo a IO u fyzických osôb podnikateov. Zárove
uvedie, i sú tieto osoby jeho zamestnancami, resp. i budú vykonáva
innos na základe iného zmluvného vzahu. V prípade, ak tieto osoby
nie sú v zamestnaneckom, prípadne inom zmluvnom pomere k uchádzaovi,
predloí uchádza aj estné vyhlásenie kadej tejto osoby, e bude k
dispozícii pre plnenie zmluvy.
V prípade, ak bude jeden uchádza úspeným vo viacerých astiach
zákazky, nie je prípustné, aby preukázal to isté technické a personálne
vybavenie pre viac astí zákazky a to vzhadom k tomu, e kosenie sa
realizuje vo vetkých astiach zákazky v tom istom termíne. (T.z.,
napr. ak bude uchádza úspený v asti 1 aj v asti 2, musí preukáza
verejnému obstarávateovi 7 ks profesionálnych kosaiek, 6 ks
krovinorezov a 13 osôb).
Nepreukázanie poadovaného technického a personálneho vybavenia
schopného zrealizova predmet zákazky v lehote urenej v Zmluve, sa
bude povaova za neposkytnutie súinnosti potrebnej k uzavretiu Zmluvy
v zmysle § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
Poda zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky platí, e
úspený uchádza Zmluvná strana 2 je povinná zabezpei zmluvné
poistenie zodpovednosti za kodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s
innosou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní
odo da nadobudnutia úinnosti tejto zmluvy minimálne na poistnú sumu
20 000 EUR pre kadý jednotlivý prípad. Zmluvná strana 2 je povinná
toto poistenie udriava a financova poas celej platnosti tejto
zmluvy. V prípade, ak by Zmluvná strana 2 nemala toto poistenie poas
trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej výke, má Zmluvná strana 1
verejný obstarávate právo odstúpi od tejto zmluvy.
III.2)Podmienky úasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane poiadaviek
týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok: 1. Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní poda
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):
Platí pre vetky asti doklady poadované na preukázanie osobného
postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 § 26 aj bod 2 § 27) je
postaujúce v ponuke predloi jedenkrát a to bez ohadu na to, i
uchádza predkladá ponuku na jednu as, viac astí alebo na vetky
asti zákazky.
Uchádza preukáe splnenie tejto podmienky úasti nasledovne:
a) predloí na preukázanie splnenia podmienok úasti týkajúcich sa
osobného postavenia doklady poda § 26 ods. 2 zákona . 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov; alebo
b) platným zápisom do zoznamu podnikateov poda § 128 zákona o
verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Splnenie podmienok úasti uvedených vyie bude vyhodnocované aj v
súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie .
5/2015 z 15.05.2015 k retrukturalizácii ako novej podmienke úasti
týkajúcej sa osobného postavenia, poda ktorého platí, e:
Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa s úinnosou dom vyhlásenia,
t. j. od 29. 4. 2015, dopa ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) zákona o
verejnom obstarávaní. Ide o doplnenie podmienok úasti týkajúcich sa
osobného postavenia o skutonos, e verejného obstarávania sa môe
zúastni len subjekt, ktorý nie je v retrukturalizácii.
Táto skutonos sa preukazuje potvrdením prísluného súdu, nie starím
ako 3 mesiace.
Podnikate zapísaný v zozname podnikateov poda zákona o verejnom
obstarávaní v znení úinnom do 28.4.2015 môe preukáza splnenie
podmienky úasti, e nie je v retrukturalizácii,
1. predloením potvrdenia prísluného súdu nie starieho ako tri
mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému
obstarávateovi alebo obstarávateovi alebo
2. doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateov prostredníctvom
oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie
(alej len úrad) zverejuje na svojom webovom sídle s priloeným
potvrdením prísluného súdu nie starím ako 3 mesiace.
Celý text citovaného výkladového stanoviska UVO sa nachádza:
[7]https://www.uvo.gov.sk/documents/10157/2678390/vykladove_stanovisko_
2015_5_20150515.pdf
Odôvodnenie vyadovania vyie uvedených podmienok úasti týkajúcich sa
osobného postavenia:
Podmienky úasti týkajúce sa osobného postavenia boli urené v zmysle §
26 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Toto ustanovenie je
taxatívne a preto ho musel verejný obstarávate v plnom rozsahu
aplikova. Vzhadom ku skutonosti, e predmet zákazky je financovaný z
verejných zdrojov, verejný obstarávate má záujem, aby bola zmluva
uzavretá len s takým uchádzaom, ktorý spa vetky podmienky úasti
uvedené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Je aj v záujme verejného
obstarávatea, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný
ako dlník voi prísluným tátnym orgánom, voi ktorému by bol vedený
výkon rozhodnutia a tie, aby uchádza a jeho tatutárny orgán (resp.
jeho lenovia) neboli právoplatne odsúdení za trestné iny, ktoré
pecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý spa aj alie
podmienky úasti tak, ako je uvedené v § 26 zákona o verejnom
obstarávaní.
Skupina dodávateov preukazuje splnenie podmienok úasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kadého lena skupiny
osobitne a splnenie podmienok úasti vo verejnom obstarávaní týkajúce
sa finanného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
spôsobilosti preukazuje spolone. Splnenie podmienky úasti poda § 26
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje len skupiny
len vo vzahu k tej asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpei.
Skupina dodávateov môe vyui finanné zdroje úastníkov skupiny
dodávateov alebo iných osôb poda § 27 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, technické a odborné kapacity úastníkov skupiny
dodávateov alebo iných osôb poda § 28 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finanná spôsobilos
Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok: Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní, ktorými
preukazuje finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o
verejnom obstarávaní:
Uchádza v ponuke predloí nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
preukazuje svoje finanné alebo ekonomické postavenie:
2.A pre as 1:
2.A1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
asti týchto podkladov.
Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
fotokópii;
2.A.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
2.B pre as 2:
2.B1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
asti týchto podkladov.
Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
fotokópii;
2.B.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
2.C pre as 3:
2.C1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
asti týchto podkladov.
Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
fotokópii;
2.C.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.);
2.D pre as 4:
2.D1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzaa plni svoje finanné
záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku du, v ktorom uplynie lehota na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávate poaduje takéto vyjadrenie od
kadej banky, v ktorej má uchádza vedený úet. V prípade, ak sa banka
vyjadrí, e uchádza je v nepovolenom debete, alebo e jeho úet je
predmetom exekúcie alebo e uchádza nedodruje splátkový kalendár, je
potrebné aby uchádza doloil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V
prípade, ak z predloených dokladov alebo z predloeného zdôvodnenia
uchádzaa bude zrejmé, e uchádza nie je schopný plni svoje finanné
záväzky, bude z tejto zákazky uchádza vylúený.
Uchádza zárove predloí aj estné vyhlásenie (podpísané
osobou/osobami oprávnenou zastupova uchádzaa), v ktorom presne
uvedie, v ktorých bankách má vedený úet (vymenuje vetky banky) a e
nemá vedený úet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v
zahranií). Odporúaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v tejto
asti týchto podkladov.
Vyjadrenie banky a estné vyhlásenie poaduje verejný obstarávate
predloi v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej
fotokópii;
2.D 2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom na to, e úhrady za poskytnuté sluby budú fakturované
priebene, poas celej doby poskytovania sluieb, t. z. s asovým
odstupom (na základe skutone poskytnutých sluieb), verejný
obstarávate potrebuje ma istotu, e uchádza je dostatone ekonomicky
silný, aby bol schopný realizova zákazku a poskytova sluby aj bez
predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka úasti má slúi aj
na to, aby verejný obstarávate získal aktuálny údaj o schopnosti
uchádzaa plni svoje finanné záväzky a to od bankového subjektu,
ktorý uchádzaovi vedie úet/úty a teda má prehad o jeho prípadných
finanných problémoch odôvodujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy
(napr. o úte, ktorý je zablokovaný exekútorom a pod.).
Pre vetky asti zákazky:
2.G uchádza môe na preukázanie finanného a ekonomického postavenia
vyui finanné zdroje inej osoby, bez ohadu na ich právny vzah. V
takomto prípade musí uchádza alebo záujemca verejnému obstarávateovi
alebo obstarávateovi preukáza, e pri plnení zmluvy bude môc reálne
disponova so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuíva na preukázanie
finanného a ekonomického postavenia. Túto skutonos preukazuje
uchádza písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukáza svoje finanné a ekonomické
postavenie, e táto osoba poskytne plnenie poas celého trvania
zmluvného vzahu. Osoba, ktorej zdroje majú by pouité na preukázanie
finanného a ekonomického postavenia musí spa podmienky úasti poda
§ 26 ods. 1 vo vzahu k tej asti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje záujemcovi alebo uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo
záujemca preukázal finanné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby
a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádza alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; monos
zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
2.H v prípade, ak uchádza predkladá ponuku na viac alebo vetky asti
zákazky platí, e je postaujúce, aby vyjadrenie banky o schopnosti
uchádzaa plni svoje finanné záväzky, nie starie ako 3 mesiace ku
du, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, ktorým preukazuje
finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o verejnom
obstarávaní a estné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou
zastupova uchádzaa), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má
vedený úet (vymenuje vetky banky) a e nemá vedený úet v inej banke,
ktorým preukazuje finanné a ekonomické postavenie poda § 27 zákona o
verejnom obstarávaní predloil v ponuke len jeden krát.
Poznámka k registru konených uívateov výhod:
Verejný obstarávate nesmie uzavrie zmluvu s uchádzaom alebo
uchádzami, pokia osoby poda § 27 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorých finanné zdroje uchádza alebo uchádzai vyuili
na preukázanie finanného a ekonomického postavenia, nemajú v registri
konených uívateov výhod zapísaných konených uívateov výhod.
III.2.3)Technická spôsobilos
Informácie a formálne náleitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok:
Podmienky úasti uchádzaov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje
technickú alebo odbornú spôsobilos poda § 28 zákona o verejnom
obstarávaní:
Uchádza v ponuke predloí nasledovné informácie a dokumenty, ktorými
preukazuje (odbornú) alebo technickú spôsobilos:
3.A pre as 1:
3.A.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
tejto asti zákazky.
Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
rozhodnom období.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10.000,- EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
obstarávaní,
ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
boli poskytnuté.
Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
1.3.2014.
V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
údajov u odberateov uvedených v zozname.
Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
kurz;
3.A.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
plnenia;
3.A.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa;
3.A.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
ponuke 2 x. Avak verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9 týmto je teda moné splni
aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
zákona o verejnom obstarávaní;
3.A. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
3.B pre as 2:
3.B.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné
obdobie),doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením
vetkých náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona .
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia
sluieb.
Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
tejto asti zákazky.
Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
rozhodnom období.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
obstarávaní,
ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
boli poskytnuté.
Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov platí, e: splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
1.3.2014.
V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
údajov u odberateov uvedených v zozname.
Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
kurz;
3.B.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
plnenia;
3.B.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa;
3.B.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
ponuke 2 x. Avak verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9 týmto je teda moné splni
aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
zákona o verejnom obstarávaní;
3.B. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
3.C pre as 3:
3.C.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
tejto asti zákazky.
Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
rozhodnom období.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 25 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 5 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 5 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 5 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 25 000 EUR bez DPH.
Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
obstarávaní,
ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
boli poskytnuté.
Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
1.3.2014.
V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
údajov u odberateov uvedených v zozname.
Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
kurz;
3.C.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
plnenia;
3.C.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa;
3.C.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
uvedené poaduje v zmysle § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a
teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
ponuke 2 x. Avak verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9 týmto je teda moné splni
aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
zákona o verejnom obstarávaní;
3.C. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
4.D pre as 4:
3.D.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam poskytnutých sluieb rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet tejto asti zákazky (t. j.
kosenie a/alebo) mulovanie), za predchádzajúce 3 roky, (t. z. od
16.2.2013 do 16.2.2016 alej oznaované aj ako rozhodné obdobie),
doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb s uvedením vetkých
náleitostí, ktoré vyaduje § 28 ods. 1 písm. a) zákona . 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorích predpisov t. z. s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateov a doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia sluieb.
Verejný obstarávate taktie vyaduje, aby uchádza uviedol pre kadú
poskytnutú slubu aj názov odberatea (t. z. druhej zmluvnej strany),
kontaktnú osobu odberatea a prípadne aj telefón na u a aj struný
opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, i ilo o poskytnutie sluieb
rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je predmet zákazky (t. z.
kosenie a/alebo mulovanie), pokia to nie je zrejmé u z názvu
referencie). Ak sú predmetom referencie aj sluby iného charakteru,
ako sú sluby poadované v tejto asti zákazky, poadujeme v referencii
odleni poskytnutie sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru
ako je predmet zákazky od ostatných sluieb, ktoré nie sú predmetom
tejto asti zákazky.
Verejný obstarávate bude uznáva zo zoznamu poskytnutých sluieb len
tie asti poskytnutých sluieb, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom
období, ak by ilo o poskytnutie sluieb, ktoré boli zaaté a/alebo
ukonené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádza je povinný v tomto
prípade výslovne uvies k takýmto poskytnutým slubám (referenciám) aj
presný údaj o tom, aký objem sluieb (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v
rozhodnom období.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
Pri kadej referencii (t. z. pri kadom poskytnutí sluieb) platí:
ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate poda
tohto zákona, dokladom je referencia poda § 9a zákona o verejnom
obstarávaní,
ak odberateom bola iná osoba ako verejný obstarávate alebo
obstarávate poda tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate; ak
také potvrdenie uchádza alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaa alebo záujemcu o ich poskytnutí, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
boli poskytnuté.
Pozn.: Poda § 155m ods. 11 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov platí, e: Splnenie podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm.
a), ak odberateom bol verejný obstarávate alebo obstarávate, je do 3
rokov odo da nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií poda
§ 9a a zverejnenia vzoru referencie poda § 9a ods. 6 moné aj
potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované
postupom poda tohto zákona v znení úinnom do 30.6.2013. Splnenie
podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateom bol verejný
obstarávate alebo obstarávate, je do 5 rokov odo da nasledujúceho po
dni zriadenia evidencie referencií poda § 9a a zverejnenia vzoru
referencie poda § 9a ods. 6 moné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom poda tohto zákona v
znení úinnom do 30.6.2013. Evidencia referencií poda § 9a zákona o VO
a vzor referencie poda § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené da
1.3.2014.
V prípade nesplnenia vyie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude
toto povaované za nesplnenie podmienok úasti.
Verejný obstarávate si vyhradzuje právo overi hodnotenie a pravdivos
údajov u odberateov uvedených v zozname.
Ak bude v zozname poskytnutých sluieb alebo v potvrdení odberatea
uvedený objem v inej mene ako euro pouije sa na prepoet z inej meny
na euro kurz inej meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2013 a
2015 zverejnený ECB ako posledný v príslunom roku, príp. ak ide o rok
2016, bude pouitý prepoet aktuálny ku du predloenia ponuky.
Prísluným rokom sa v rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v ktorom
bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa poskytovali sluby (t. z.
nie rok ukonenia poskytovania sluieb). Tento prepoet vykoná
uchádza, priom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný
kurz;
3.D.2 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Zoznam poskytnutých sluieb za predchádzajúce 3 roky má slúi na to,
aby zákazku realizoval taký uchádza, ktorý u má skúsenosti s
poskytovaním sluby rovnakého alebo porovnateného charakteru ako je
predmet tejto zákazky. Minimálna poadovaná úrove tandardov pri tejto
podmienke bola urená primerane k predpokladanej hodnote zákazky, o
verejný obstarávate povauje za primerané a podporujúce hospodársku
súa. Referencie v tomto objeme dokáe poskytnú iroký okruh
subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný obstarávate
vyaduje, aby uchádza mal skúsenosti s poskytovaním sluby aspo v
tomto rozsahu, nakoko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto
minimálnom objeme majú vytvori predpoklad, e zákazku bude realizova
dostatone skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve
skúsenosti uchádzaa s realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných
zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie zmluvy
uzavretej s úspeným uchádzaom. Nakoko zákazka bude financovaná z
verejných zdrojov, je o to potrebnejie, aby bola zákazka zrealizovaná
riadne, skúseným partnerom bez vánejích technických a odborných
problémov a práve skúsenosti uchádzaa by mali by zárukou kvalitného
plnenia;
3.D.3 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu
plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádza poskytujúci slubu v úmysle
zabezpei subdodávateom, spolu s uvedením identifikaných údajov
subdodávatea, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikané íslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikané íslo.
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa;
3.D.4 odôvodnenie vyadovania tejto podmienky úasti:
Vzhadom k tomu,e predmet zákazky sa realizuje vo verejnom záujme a
uspokojujú sa ním verejné potreby, verejný obstarávate vyaduje, aby
mal vedomos o tom, kto konkrétne bude predmet zákazky realizova. Na
tejto podmienke úasti t. j. na identifikácii subdodávateov, má
verejný obstarávate záujem o to viac, e predmet zákazky je
realizovaný z verejných zdrojov a zárove je pod neustálym
drobnohadom, prípadne kritikou obyvateov mesta Trenín. Urením tejto
podmienky úasti verejným obstarávateom nie je dotknuté právo
uchádzaa poskytnú slubu aj bez úasti subdodávateov. Uchádza v
prípade poskytnutia sluby aj prostredníctvom subdodávateov bude
postupova poda bodu 33. asti A.1 súaných podkladov.
Za týmto úelom vypracoval verejný obstarávate odporúaný vzor
vyhlásenia, ktoré má by súasou ponuky a v ktorom uchádza uvedie, i
uchádza bude vyuíva subdodávky (v tom prípade vyplní alie údaje
uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateov a pod.) alebo
uvedie, e nebude vyuíva subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpeí
sám (vzor vyhlásenia sa nachádza v asti A.1 súaných podkladov).
Uvedené vyhlásenie sa vyaduje aj v súlade s asou A.1 súaných
podkladov as VII. Subdodávky. Pre odstránenie pochybností uvádzame,
e v tomto prípade nejde o podmienku úasti, ale verejný obstarávate
uvedené poaduje v zmysle § 34 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní a
teda v podstate by mal uchádza identifikova subdodávateov vo svojej
ponuke 2 x. Avak verejnému obstarávateovi postaí, ak uchádza
uvedie podiel subdodávok vo svojej ponuke poda pokynov uvedených v
asti A.1 súaných podkladov bod 16.1.9 týmto je teda moné splni
aj preukázanie splnenia podmienky úasti poda § 28 ods. 1 písm. k)
zákona o verejnom obstarávaní;
3.D. 5 uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohadu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo
záujemca verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e
pri plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1a § 26a vo vzahu k tej
asti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzaovi poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádza alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnú len sám,
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; monos zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá.
Pre vetky asti zákazky:
3.E uchádza môe na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohadu
na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádza alebo záujemca
verejnému obstarávateovi alebo obstarávateovi preukáza, e pri
plnení zmluvy bude môc reálne disponova s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutonos preukazuje uchádza písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú
spôsobilos alebo odbornú spôsobilos, e táto osoba poskytne svoje
kapacity poas celého trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity
majú by pouité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti,
musí spa podmienky úasti poda § 26 ods. 1 vo vzahu k tej asti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzaovi
poskytnuté. Ak uchádza alebo záujemca preukázal technickú spôsobilos
alebo odbornú spôsobilos technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a poas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádza alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnú len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; monos
zmeny subdodávatea tým nie je dotknutá;
3.F v prípade, ak uchádza predkladá ponuku na vetky asti zákazky je
potrebné, aby predloil doklady poadované na preukázanie odbornej
alebo technickej spôsobilosti (§ 28 zákona o verejnom obstarávaní) pre
kadú as samostatne a to tak, ako je uvedené vyie.
Pre odstránenie pochybností verejný obstarávate uvádza vysvetlenie:
Napr. ak uchádza predkladá ponuku na as 1 aj na as 2, nemôe
preukáza splnenie podmienky úasti poda § 28 ods.1 písm. a)
referencie predloením jednej a tej istej referencie vo výke 100 000
EUR bez DPH. Teda ak uchádza predkladá ponuku na viacero astí
zákazky, jednu referenciu môe poui len v jednej asti. Avak pokia
referencia svojou hodnotou (sumou) zodpovedá poiadavke verejného
obstarávatea na výku referencii pre obe asti, takáto referencia bude
akceptovaná t. z., napr. ak uchádza predkladá ponuku na as 1 aj na
as 2 a predloí jednu referenciu vo výke 200 000 EUR bez DPH, takáto
referencia bude vzhadom na svoju výku a vzhadom na výku referencii
poadovaných verejným obstarávateom pre as 1 (100 000 EUR bez DPH) a
pre as 2 (100 000 EUR bez DPH) akceptovaná.
V prípade, ak uchádza predkladá ponuku na viacero astí zákazky, je
povinný pri kadej referencii uvies, ku ktorej asti zákazky, na ktorú
predloil ponuku, sa daná referencia a v akej hodnote vzahuje. Ak
uchádza túto informáciu neuvedie, bude referencia zarátaná vo výke
poadovanej verejným obstarávateom postupne najprv na as zákazky s
najniím íslom, na ktorú uchádza predloil ponuku, následne na as
zákazky s vyím íslom, na ktorú uchádza predloil ponuku, at. To
znamená, napr. ak ponuka uchádzaa as Ostatné bude obsahova jednu
referenciu vo výke 125 000 EUR bez DPH a uchádza predloí ponuku na
as 1 (kde sa vyaduje referencia vo výke 100 000 EUR bez DPH), na
as 2 (kde sa vyaduje referencia vo výke 100 000 EUR bez DPH) a na
as 3 (kde sa vyaduje referencia vo výke 25 000 EUR bez DPH) a
neuvedie, na ktoré asti zákazky sa táto referencia vzahuje, verejný
obstarávate akceptuje na as 1 zákazky as referencie vo výke 100
000 EUR bez DPH a na as 2 zákazky zvynú as referencie vo výke 25
000 EUR bez DPH a teda uchádza splní túto podmienku úasti len pre
jednu as (as 1) zákazky, na ktorú predloil ponuku.
Poznámka k registru konených uívateov výhod:
Verejný obstarávate nesmie uzavrie zmluvu s uchádzaom alebo
uchádzami, pokia osoby poda § 28 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorých technické a odborné kapacity uchádza alebo
uchádzai vyuili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, nemajú v registri konených uívateov výhod zapísaných
konených uívateov výhod.
Minimálna poadovaná úrove tandardov:
Pre as 1:
§ 28 ods. 1 písm. a).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
§ 28 ods. 1 písm. k)
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa.
Pre as 2:
§ 28 ods. 1 písm. a).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
§ 28 ods. 1 písm. k).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa.
Pre as 3:
§ 28 ods.1 písm. a).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 25 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 5 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 5 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 5 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 25 000 EUR bez DPH.
§ 28 ods. 1 písm. k).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa.
Pre as 4:
§ 28 ods.1 písm. a).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal
poskytovanie sluieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet tejto zákazky (t. j. kosenie a/alebo mulovanie) v rozhodnom
období v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH v súte (avak iadna
jednotlivá referencia nesmie by niia ako 10 000 EUR bez DPH t. z.
minimálny objem poskytnutých sluieb na jednu referenciu je 10 000 EUR
bez DPH). Pre odstránenie pochybností uvádzame, e minimálny objem
(hodnota) poskytnutých sluieb na 1 referenciu je 10 000 EUR bez DPH a
súet referencii v rozhodnom období musí by min. 100 000 EUR bez DPH.
§ 28 ods. 1 písm. k).
Verejný obstarávate uril minimálny tandard (úrove) na preukázanie
splnenia tejto podmienky skutonos, aby uchádza preukázal túto
podmienku úasti vo vzahu k subdodávateom, ktorí sa majú podiea na
poskytnutí sluieb v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v
ponuke uchádzaa.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie sluieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie sluby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie sluby
Právnické osoby by mali uvies mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov
zodpovedných za poskytnutie sluby: nie
Oddiel IV: Postup
IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie potu uchádzaov, ktorí budú vyzvaní na predloenie
ponuky alebo na úas
IV.1.3)Zníenie potu uchádzaov poas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najniia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Pouije sa elektronická aukcia: áno
Dodatoné informácie o elektronickej aukcii: Na kadú as zákazky
prebehne samostatná elektronická aukcia. Uchádzai môu v elektronickej
aukcii zniova svoje celkové ceny s DPH (za celé obdobie trvania
zmluvy v súlade s ich návrhom na plnenie kritérií) za tú as predmet
zákazky, na ktorú predloili ponuku.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenné íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate:
UP-VO/2015/37385/110855
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbené oznámenie
íslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [8]2015/S 248-451926 z 23.12.2015
IV.3.3)Podmienky na získanie súaných podkladov a doplujúcich
dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie iadostí o súané podklady alebo o prístup k
dokumentom: 16.2.2016 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo iadostí o úas
16.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úas
vybratým uchádzaom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) mono predklada ponuky alebo
iadosti o úas
IV.3.7)Minimálna lehota, poas ktorej sú ponuky uchádzaov viazané
do: 30.9.2016
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16.2.2016 - 10:30
Miesto:
Mesto Trenín, Mierové nám. . 2, 911 64 Trenín, Slovenská republika.
Poschodie: prízemie.
Miestnos: malá zasadacia miestnos v Klientskom centre na Mestskom
úrade v Treníne.
Osoby oprávnené zúastni sa na otváraní ponúk: nie
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakova: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Európskej únie: nie
VI.3)Doplujúce informácie
1. Skupina dodávateov preukazuje splnenie podmienok úasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kadého lena skupiny
osobitne a splnenie podmienok úasti vo verejnom obstarávaní týkajúce
sa finanného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
spôsobilosti preukazuje spolone. Splnenie podmienky úasti poda § 26
ods. 1 písm. f) zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
preukazuje len skupiny len vo vzahu k tej asti predmetu
zákazky,ktorú má zabezpei. Skupina dodávateov môe vyui finanné
zdroje úastníkov skupiny dodávateov alebo iných osôb poda § 27 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity
úastníkov skupiny dodávateov alebo iných osôb poda § 28 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
2. Vetky doklady a dokumenty predloené na preukázanie splnenia
podmienok úasti musia by predloené verejnému obstarávateovi v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokia
nie je výslovne uvedené inak.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateom a záujemcami sa uskutoní
výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v eskom jazyku.
4. V prípade, ak ponuková cena uchádzaa pre tú as, na ktorú
predloil ponuku vrátane DPH (po ukonení elektronickej aukcie) bude
vyia ako predpokladaná hodnota tejto asti zákazky urená verejným
obstarávateom s DPH, môe verejný obstarávate povaova takúto ponuku
za neprijatenú a má právo neprija ju.
5. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je moné navi poas trvania
zmluvy v dôsledku registrácie úspeného uchádzaa za platitea DPH.
6. alie skutonosti sú uvedené v súaných podkladoch.
7. Pre kadú as zákazky prebehne samostatná aukcia.
E-aukcie sa budú vykonáva prostredníctvom elektronických zariadení
na internetovej adrese: [9]https://trencin.proebiz.com Kontakt na
administrátora e-aukcie: Ing. Jana Molnárová, e-mail:
[10]jana.molnarova@trencin.sk, tel. .: +421 911041829. alie
podrobnosti o el. aukcii (jej priebehu, technických poiadavkách pre
prístup do elektronickej aukcie, minimálnom kroku zníenia ceny
uchádzaa v aukcii a pod.) sú uvedené v súaných podkladoch.
8. Podmienkou pre poskytnutie súaných podkladov je predloenie
iadosti záujemcu o vydanie súaných podkladov verejnému
obstarávateovi a to najneskôr v lehote uvedenej v bode IV.3.3. tohoto
oznámenia (Podmienky na získanie súaných podkladov a doplujúcich
dokumentov alebo informatívneho dokumentu). Súané podklady je moné
prevzia si aj osobne na kontaktnom mieste uvedenom v tomto oznámení
na adrese: Mesto Trenín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenín, Slovenská
republika, najneskôr vak do uplynutia lehoty uvedenej v bode IV.3.3.
tohoto oznámenia u osoby zodpovednej za poskytovanie podkladov ktorou
je Mgr. Martina Trenanová. Úradné hodiny podatene verejného
obstarávatea pre potreby tejto súae: pracovné dni: Po-tv:
8:0016:30 hod. Pia: 8:0014:00 hod.
Úradné hodiny verejného obstarávatea, poas ktorých je prítomná osoba
zodpovedná za vysvetovanie podkladov pre potreby tejto súae:
Pracovné dni: 8:0014:00 hod.
iados o vydanie súaných podkladov musí by reálne doruená (stai
aj mail, fax) v urenej lehote na kontaktné miesto (t. z. nestaí
odovzda na prepravu, na potu a pod.).
9. Vzhadom k tomu, e súané podklady majú viac ako 100 strán, budú
prednostne zasielané záujemcom len mailom v prípade, ak záujemca o
súané podklady nepoiada vyslovene o ich zaslanie v papierovej
podobe.
10. V súlade s § 155q ods. 6 zákona . 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov oznamuje verejný obstarávate, e v tejto zákazke bude
postupova v zmysle § 18 v znení úinnom do 31.10.2015.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: [11]http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého mono získa informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: [12]http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schaden- oder Verlustversicherungen - PL-Jelenia Góra
Schaden- oder Verlustversicherungen
Mit dem Wetter verbundene Versicherungen
Allgemeine Haftpflichtversicherungen
Dokument Nr...: 5773-2016 (ID: 2016010809123943123)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
PL-Jelenia Góra: Schaden- oder Verlustversicherungen
2016/S 5/2016 5773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ul. Wolnoci 145
Zu Händen von: Anna Mazurek
58-500 Jelenia Góra
POLEN
Telefon: +48 757648736
E-Mail: [4]zampub@mzk.jgora.pl
Fax: +48 757648684
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.mzk.jgora.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66515000, 66515400, 66516400
Beschreibung
Schaden- oder Verlustversicherungen.
Mit dem Wetter verbundene Versicherungen.
Allgemeine Haftpflichtversicherungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 796 942 PLN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
POLEN
E-Mail: [6]miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl
Telefon: +48 566505500
Fax: +48 566505550
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 725 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 544 342 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Powszechny Zakad Ubezpiecze SA
ul. Zieliskiego 41
53-533 Wrocaw
POLEN
E-Mail: [7]aberesniewicz@pzu.pl
Telefon: +48 713083010
Fax: +48 713083057
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 277 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 252 600 PLN
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 2
References
4. mailto:zampub@mzk.jgora.pl?subject=TED
5. http://www.mzk.jgora.pl/
6. mailto:miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl?subject=TED
7. mailto:aberesniewicz@pzu.pl?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Jelenia Góra: Usugi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
2016/S 005-005773
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zakad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ul. Wolnoci 145
Osoba do kontaktów: Anna Mazurek
58-500 Jelenia Góra
POLSKA
Tel.: +48 757648736
E-mail: [6]zampub@mzk.jgora.pl
Faks: +48 757648684
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.mzk.jgora.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Ubezpieczenie pojazdów MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z podziaem na
pakiety.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Siedziba Zamawiajcego: MZK Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze, ul. Wolnoci 145, 58-500 Jelenia Góra.
Kod NUTS PL5,PL515
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usuga ubezpieczenia pojazdów MZK Sp. z
o.o. w Jeleniej Górze z podziaem na pakiety. Pakiet 1. Ubezpieczenia
komunikacyjne, pakiet 2. Ubezpieczenia komunikacyjne 12 autobusów.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
66515000, 66515400, 66516400
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 796 942 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Zaakceptowane klauzule dodatkowe. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
PN/12/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 212-386083 z dnia 31.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
POLSKA
E-mail: [9]miroslawa.nowakowska@ergohestia.pl
Tel.: +48 566505500
Faks: +48 566505550
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 725 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 544 342 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne 12
autobusów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Powszechny Zakad Ubezpiecze SA
ul. Zieliskiego 41
53-533 Wrocaw
POLSKA
E-mail: [10]aberesniewicz@pzu.pl
Tel.: +48 713083010
Faks: +48 713083057
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 277 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 252 600 PLN
Bez VAT
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: [12]http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Urzd Zamówie Publicznych
ul. Postpu 17
02-676 Warszawa
E-mail: [13]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: [14]http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Eisenbahnmaterial - UK-London
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 5873-2016 (ID: 2016010809140943251)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
UK-London: Eisenbahnmaterial
2016/S 5/2016 5873
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung Versorgungssektoren
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Commercial Operations London Underground
15 Westferry Circus
Zu Händen von: Trevor Gilbert
E14 4HD London
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2070384773
E-Mail: [3]SMNCProject@tfl.gov.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [4]www.tfl.gov.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.4)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34940000
Beschreibung
Eisenbahnmaterial.
II.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
References
3. mailto:SMNCProject@tfl.gov.uk?subject=TED
4. http://www.tfl.gov.uk/
OT: 08/01/2016 S5 - - Supplies - Periodic indicative notice without
call for competition - Not applicable
United Kingdom-London: Railway equipment
2016/S 005-005873
Periodic indicative notice utilities
Supplies
Directive 2004/17/EC
This notice is a call for competition: no
This notice aims at reducing time-limits for receipt of tenders: no
Section I: Contracting entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Commercial Operations London Underground
15 Westferry Circus
For the attention of: Trevor Gilbert
E14 4HD London
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2070384773
E-mail: [4]SMNCProject@tfl.gov.uk
Internet address(es):
General address of the contracting entity: [5]www.tfl.gov.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
I.2)Main activity
Railway services
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
entities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Automatic Switch and Crossing Inspection Equipment Solutions for use on
London Underground network.
II.2)Type of contract
Supplies
II.3)Short description of the contract or purchase(s):
London Underground Limited (LUL) is considering possible approaches to
the future development and supply of Automatic Switch and Crossing
Inspection Equipment. The equipment must be able to be mounted and
towable on either a track trolley or road rail vehicle. LUL is seeking
to engage with a wide range of suppliers and operators of such
equipment in order to understand the current market and explore
opportunities for development.
Interested parties are requested to express an interest to the
aforementioned contact point and request a copy of the scope and
complete the request for information. LUL may at its sole discretion
enter into further discussion with respondents.
II.4)Common procurement vocabulary (CPV)
34940000
II.5)Scheduled date for start of award procedures and duration of the
contract
II.6)Estimated cost and main terms of financing
II.6.1)Initial estimated cost
II.6.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.8)Additional information:
Submission of Expression of Interest via email to
[6]SMNCProject@tfl.gov.uk no later than 17:00 GMT on the 5.2.2016. Upon
receiving your expression of interest LUL will provide the scope for
the Automatic Switch and Crossing Inspection Equipment and a
questionnaire to be completed by interested parties. For your
submission to be taken into consideration the questionnaire must be
submitted to the following email address [7]SMNCProject@tfl.gov.uk no
later than 17:00 GMT on the 5.2.2016.
Terms of Market Engagement
LUL will manage the process in an open and transparent manner to
maximise the possible benefits. Participation or non participation in
this market testing will not preclude suppliers or
disadvantage/advantage any suppliers ability to participate in any
future procurement activity.
Direct or non indirect canvassing of any TfL or LUL employee or agent
by any supplier concerning this requirement or any attempt to procure
information from any TfL or LUL employee or agent concerning this PIN
outside of the formal process described in this document may result in
disqualification of the supplier for consideration of any future
procurement activity relating to this requirement. No information
contained within this notice or any communication made between LUL and
any supplier in connection with this shall be relied upon as
constituting a contract, agreement or representation that any contract
shall be offered in accordance with this PIN.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Estimated total value of supplies or services contract(s)
VI.4)Date of dispatch of this notice:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör - NO-Trondheim
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Netzausrüstung
Dokument Nr...: 5973-2016 (ID: 2016010809150743350)
Veröffentlicht: 08.01.2016
*
NO-Trondheim: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
2016/S 5/2016 5973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
NTNU (The Norwegian University of Science and Technology)
Zu Händen von: Øystein Moen Skotheim
7491 Trondheim
NORWEGEN
Telefon: +47 73598008
E-Mail: [4]oystein.skotheim@ntnu.no
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32000000, 32420000
Beschreibung
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und
Zubehör.
Netzausrüstung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Rohde Schwarz Norge AS
Østensjøveien 34
0667 Oslo
NORWEGEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:oystein.skotheim@ntnu.no?subject=TED
OT: 08/01/2016 S5 - - Supplies - Contract award notice - Open
procedure
Norway-Trondheim: Radio, television, communication, telecommunication
and related equipment
2016/S 005-005973
Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
NTNU (The Norwegian University of Science and Technology)
For the attention of: Øystein Moen Skotheim
7491 Trondheim
NORWAY
Telephone: +47 73598008
E-mail: [6]oystein.skotheim@ntnu.no
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
ANSK-0019-15 Network calculator.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
NTNU Trondheim, Norway.
NUTS code NO
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
1 x 4 port network calculator, complete.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
32000000, 32420000
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Environment. Weighting 10
2. Technical features, functionality, services etc. Weighting 40
3. Total price. Weighting 50
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: [7]2015/S 064-113637 of 1.4.2015
Section V: Award of contract
Contract No: 1 Lot title: Contract
V.1)Date of contract award decision:
7.8.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 2
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Rohde Schwarz Norge AS
Østensjøveien 34
0667 Oslo
NORWAY
V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Straßenarbeiten - CZ-Pardubice
Straßenarbeiten
Dokument Nr...: 6073-2016 (ID: 2016010909013343549)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
CZ-Pardubice: Straßenarbeiten
2016/S 6/2016 6073
Pardubický kraj, 70892822, Komenského námstí 125, Oddlení pípravy a
realizace investic, Zu Händen von: Jaroslav Tom, Pardubice 532 11,
TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420 466026462. E-Mail:
jaroslav.tomsu@pardubickykraj.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 7.11.2015, [1]2015/S
216-393315)
Betr.:
CPV:45233140
Straßenarbeiten
Anstatt:
II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
svým souasným stavebn technickým stavem nepostaující pro silniní
dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je 1 705 m.
II.8) Dalí informace:
.
.
.
.
.
.
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
muss es heißen:
II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
svým souasným stavebn-technickým stavem nepostaující pro silniní
dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je cca 1 705
m.
II.8) Dalí informace:
Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
Odvodnní úelnosti veejné zakázky:
a) popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny:
Realizací veejné zakázky dojde k odstranní nevyhovujícího stavu
silnice II/315 v úseku Hrádek prtah a zvýení bezpenosti silniního
provozu;
b) popis pedmtu veejné zakázky: Silnice II/315 je významnou spojnicí
mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve
staniení km 20,95022,655 je svým souasným stavebn technickým
stavem nepostaující pro silniní dopravu. Bude provedena sanace
konstrukních vrstev vozovky vetn nových asfaltových vrstev, nová
deová kanalizace pro odvodnní komunikace v prtahu obcí,
modernizovány píné propustky a silniní most. Pro zvýení bezpenosti
bude do kritických míst doplnný odpovídající zádrný systém. Budou
provedeny i nezbytné peloky inenýrských sítí a vegetaní úpravy.
Celková délka úseku je 1 705 m;
c) vzájemný vztah pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele:
Realizací pedmtu veejné zakázky dojde k zajitní TP v rámci
stávajícího íkového uspoádání a podélného profilu v souladu s
bezpeností a plynulostí provozu;
d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky: Pedpokládaný termín
ukonení realizace pedmtu veejné zakázky je 31.10.2018.
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393315-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 09/01/2016 S6 - - Stavební práce - Dodatené informace - Nehodící
se
eská republika-Pardubice: Práce na stavb silnic
2016/S 006-006073
Pardubický kraj, 70892822, Komenského námstí 125, Oddlení pípravy a
realizace investic, K rukám: Jaroslav Tom, Pardubice 532 11, ESKÁ
REPUBLIKA. Tel.: +420 466026462. E-mail:
jaroslav.tomsu@pardubickykraj.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 7.11.2015, [1]2015/S
216-393315)
Pedmt:
CPV:45233140
Práce na stavb silnic
Namísto:
II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
svým souasným stavebn technickým stavem nepostaující pro silniní
dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je 1 705 m.
II.8) Dalí informace:
.
.
.
.
.
.
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
tte:
II.4) Struný popis pedmtu a rozsahu stavebních prací:
Silnice II/315 je významnou spojnicí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.
Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve staniení km 20,95022,655 je
svým souasným stavebn-technickým stavem nepostaující pro silniní
dopravu. Bude provedena sanace konstrukních vrstev vozovky vetn
nových asfaltových vrstev, nová deová kanalizace pro odvodnní
komunikace v prtahu obcí, modernizovány píné propustky a silniní
most. Pro zvýení bezpenosti bude do kritických míst doplnný
odpovídající zádrný systém. Budou provedeny i nezbytné peloky
inenýrských sítí a vegetaní úpravy. Celková délka úseku je cca 1 705
m.
II.8) Dalí informace:
Fakturace nejvýe jedenkrát za msíc na základ odsouhlaseného soupisu
provedených prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Platby v CZK.
Odvodnní úelnosti veejné zakázky:
a) popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny:
Realizací veejné zakázky dojde k odstranní nevyhovujícího stavu
silnice II/315 v úseku Hrádek prtah a zvýení bezpenosti silniního
provozu;
b) popis pedmtu veejné zakázky: Silnice II/315 je významnou spojnicí
mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Silnice II/315 v prtahu obcí Hrádek ve
staniení km 20,95022,655 je svým souasným stavebn technickým
stavem nepostaující pro silniní dopravu. Bude provedena sanace
konstrukních vrstev vozovky vetn nových asfaltových vrstev, nová
deová kanalizace pro odvodnní komunikace v prtahu obcí,
modernizovány píné propustky a silniní most. Pro zvýení bezpenosti
bude do kritických míst doplnný odpovídající zádrný systém. Budou
provedeny i nezbytné peloky inenýrských sítí a vegetaní úpravy.
Celková délka úseku je 1 705 m;
c) vzájemný vztah pedmtu veejné zakázky a poteb zadavatele:
Realizací pedmtu veejné zakázky dojde k zajitní TP v rámci
stávajícího íkového uspoádání a podélného profilu v souladu s
bezpeností a plynulostí provozu;
d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky: Pedpokládaný termín
ukonení realizace pedmtu veejné zakázky je 31.10.2018.
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn
odkaz na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauinstallationsarbeiten - FR-Clermont-Ferrand
Bauinstallationsarbeiten
Einrichtungen für Schwimmbecken
Betonplatten
Dokument Nr...: 6173-2016 (ID: 2016010909022543637)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
FR-Clermont-Ferrand: Bauinstallationsarbeiten
2016/S 6/2016 6173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Clermont Communauté
64 66 avenue de l'Union Soviétique
Zu Händen von: M. le président
63007 Clermont-Ferrand
FRANKREICH
Telefon: +33 473983400
Fax: +33 473983401
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[4]http://www.clermontcommunaute.net
Adresse des Beschafferprofils: [5]http://www.clermontcommunaute.net
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45300000, 43324100, 44114250
Beschreibung
Bauinstallationsarbeiten.
Einrichtungen für Schwimmbecken.
Betonplatten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: C15-136
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Sarl Systeau
Avenue Henri Pourrat
63510 Aulnat
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 222 119,6 EUR
ohne MwSt
References
4. http://www.clermontcommunaute.net/
5. http://www.clermontcommunaute.net/
OT: 09/01/2016 S6 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Clermont-Ferrand: Travaux d'équipement du bâtiment
2016/S 006-006173
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Clermont Communauté
64 66 avenue de l'Union Soviétique
À l'attention de: M. le président
63007 Clermont-Ferrand
FRANCE
Téléphone: +33 473983400
Fax: +33 473983401
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[6]http://www.clermontcommunaute.net
Adresse du profil dacheteur: [7]http://www.clermontcommunaute.net
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS FR724
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Aménagement d'une aire de jeux d'eau à la piscine Androsace à Cournon.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45300000, 43324100, 44114250
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
15t11
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Marché nº: C15-136
V.1)Date d'attribution du marché:
5.1.2016
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Sarl Systeau
Avenue Henri Pourrat
63510 Aulnat
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 222 119,6 EUR
Hors TVA
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Retrouvez cet avis intégral sur URL:
[8]http://www.clermontcommunaute.net
commentaires de l'avis d'attribution: Date de signature: 17.12.2015.
Modalités de consultation: prendre rendez-vous auprès de M. Luc
Sanroma, Directeur des Affaires Juridiques de la Commande Publique et
des Assemblées, au 04.73.98.34.00.
Date de parution de l'Aapc: plateforme dématérialisée le 12.10.2015,
La Montagne le 15.10.2015, au Boamp le 13.10.2015.
visite obligatoire du site objet des travaux.
modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises (Dce):
dossiers fournis gratuitement sur Cd Rom
téléchargés: URL: [9]http://www.marches-publics.info/acheteur/clerco/
ou peuvent être retirés sur place (9:00-12:00 et 14:00-16:00 5ème
étage)
ou demandés par écrit: adresse organisme acheteur
ou par fax: 04 73 98 36 25 (Direction des affaires juridiques, de la
commande publique et des assemblées)
modalités de dépôt des plis: précisées dans le règlement de
consultation.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63033 Clermont-Ferrand
FRANCE
E-mail: [10]greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Téléphone: +33 473146100
Fax: +33 473146122
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional du règlement amiable des Litiges
53 Bd Vivier Merle
69003 Lyon
FRANCE
Téléphone: +33 472770520
Fax: +33 478928316
VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Cf.adresse
du greffe du tribunal administratif ci-dessus.
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen - FR-Paris
Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
Dokument Nr...: 6273-2016 (ID: 2016010909032043737)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
FR-Paris: Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
2016/S 6/2016 6273
Banque de France, 57210489100013, Banque de France 08-1197 DA SAIM, Zu
Händen von: Madame Fanny Garcia, Paris Cedex 01 75049, FRANKREICH.
Telefon: +33 142922178. Fax: +33 142925397. E-Mail:
achats-immo@banque-france.fr
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 19.12.2015, [1]2015/S
246-446746)
Betr.:
CPV:73421000
Entwicklung von Sicherheitsausrüstungen
Anstatt:
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
muss es heißen:
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles (s'il est connu): 2.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446746-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 09/01/2016 S6 - - Fournitures - Informations complémentaires -
Procédure restreinte
France-Paris: Développement de matériel de sécurité
2016/S 006-006273
Banque de France, 57210489100013, Banque de France 08-1197 DA SAIM, À
l'attention de: Madame Fanny Garcia, Paris Cedex 01 75049, FRANCE.
Téléphone: +33 142922178. Fax: +33 142925397. E-mail:
achats-immo@banque-france.fr
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 19.12.2015,
[1]2015/S 246-446746)
Objet:
CPV:73421000
Développement de matériel de sécurité
Au lieu de:
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
Lire:
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles (s'il est connu): 2.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Geräte für optische Zeichenerkennung - DE-München
Geräte für optische Zeichenerkennung
Digitale Katasterkarten
Computerbezogene Geräte
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Fotokopiergeräte und Thermokopiergeräte
Scannerzubehör
Scannerdokumentenzuführung
Scannertransparenzadapter
Bildverarbeitungssoftwarepaket
Darstellungs- und Archivierungssystem
Grafiksoftwarepaket
Automatisierungssystem
Softwarepaket für die optische Zeichenerkennung (OCR)
Scannersoftwarepaket
Wartung und Reparatur von Büromaschinen
Reparatur und Wartung von fotografischen Geräten
Reparatur und Wartung von optischen Geräten
Installation von Büromaschinen
Hardwareinstallation
Installation von Datenverarbeitungsanlagen
Wiederherstellung nach Software-Versagen
Help-Desk und Unterstützungsdienste
Softwaretests
Systemunterstützung
Software-Unterstützung
Software-Implementierung
Software-Konfiguration
Software-Wartung und -Reparatur
Wartung von Informationstechnologiesoftware
Reparatur von Informationstechnologiesoftware
Bereitstellung von Software
Dokument Nr...: 6373-2016 (ID: 2016010909041243831)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
DE-München: Geräte für optische Zeichenerkennung
2016/S 6/2016 6373
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Landeshauptstadt München, [6]IT@M, Geschäftsbereich Zentrale Dienste,
Geschäftsleitung, Servicebereich Vergabe
Marienplatz 8
Zu Händen von: Renè Gagel
80331 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [7]itm.vergabe@muenchen.de
Fax: +49 89-233-784990
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [8]http://www.muenchen.de/
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Bauaktendigitalisierung.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Stadtgebiet der Landeshauptstadt München.
NUTS-Code DE212
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt
München, Hauptabteilung IV möchte ihr vorhandenes Fachverfahren
PRO-LBK, Untermodul eAkte, erweitern.
Im Rahmen der Erweiterung wird im Referat eine neue Scan-Stelle
eingerichtet, die die Digitalisierung von Papierdokumenten durchführt.
Für die Scan-Stelle soll ein neues Scan-System aus Hard- und Software
zum Einscannen des Posteingangs und der vorhandenen Bauakten beschafft
werden. Das Scan-System soll zudem über eine XML-Schnittstelle an das
bestehende Fachverfahren PRO-LBK, Untermodul eAkte, angebunden
werden, die die Übertragung von gescannten Dokumenten im PDF/a Format
zusammen mit definierten Metadaten ermöglicht.
Das hier ausgeschriebene Scan-System besteht aus folgenden
Bestandteilen:
2 Dokumentenscanner zum Scannen von Unterlagen der Größe DIN A8 bis
A3;
eine zu den oben genannten Dokumentscannern kompatible
Document-Capture-Software.
Die gescannten und mit Metadaten versehenen Dokumente müssen per
Hotfolder-Import in die Document-Capture-Software übertragen werden
können.
Zur besseren elektronischen Bearbeitung der Dokumente wird auch das
vorhandene Fachverfahren angepasst. Diese Anpassungen sind nicht
Bestandteil dieser Ausschreibung, müssen aber im Rahmen der
Projektorganisation mit beachtet werden.
Eine eventueller Bedarf an einem oder mehreren Großformat- oder
Kart-/Auflichtscannern ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und
wird erst nach Inbetriebnahme der Document-Capture-Software inkl. der
Dokumentenscanner evaluiert und danach bei Bereitstellung
entsprechender Haushaltsmittel gesondert ausgeschrieben.
Der angegeben Auftragswerte wurde i.S. des § 3 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. §
3 Abs. 1 S. 2 VgV geschätzt.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30216120, 30221000, 30230000, 30120000, 30121000, 30124500, 30124520,
30124530, 48328000, 48329000, 48322000, 48921000, 48313000, 48318000,
50310000, 50344100, 50344000, 51620000, 51611100, 51612000, 72251000,
72253000, 72254000, 72253200, 72261000, 72263000, 72265000, 72267000,
72267100, 72267200, 72268000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
1.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 62 000 EUR
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Option auf einmalige Verlängerung um 5
Jahre;
Option auf Flatrate Systemserice inkl. Verschleißteile;
Option auf Lizenzerweiterung: Eine Zusatzlizenz zum einmaligen
Scannen von 100 000 zusätzlichen Seiten der Document-Capture-Software
bis zu 2 x pro Jahr.
sowie weitere Leistungen vgl. Leistungsbeschreibung und
Bewerbungsbedingungen (z. B. Pflegekontingent auf Abruf).
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Zahl der möglichen Verlängerungen: 1
Voraussichtlicher Zeitrahmen für Folgeaufträge bei verlängerbaren
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen:
in Monaten: 60 (ab Auftragsvergabe)
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 60 (ab Auftragsvergabe)
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Der Zahlungsplan ist im EVB-IT Systemlieferungsvertrag hinterlegt.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
Keine, aber gesamtschuldnerische Haftung der
Bewerber-/Bietergemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber ist
Voraussetzung für Vertragsschluss.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Hinweis:
Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
etc. finden sich in dem Dokument, Bewerbungsbedingungen und
Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
Angebotserstellung. Diese werden unter [9]http://www.muenchen.de/vgst3
zum Download zur Verfügung gestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung
auf Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer
auf die genannten Dokumente.
Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
A.1.1 Dokumente:
Bitte bestätigen Sie, dass sämtliche Dokumente (z.Bsp. Arbeitspapiere,
Monatsberichte) in deutscher Sprache verfasst und der LHM in digitaler
Form (mindestens als *.pdf oder OpenOffice-Formate ab Version 3.x) zur
Verfügung gestellt werden.
(Ausschlusskriterium Ja/Nein)
A1.2 deutsche Sprache
Bitte bestätigen Sie, dass alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter die
deutsche Sprache in Wort und Schrift fließend beherrschen und sie im
Projekt anwenden werden.
(Ausschlusskriterium Ja/Nein)
Eigenerklärungen Vordrucke zur Erstellung des Angebots
Die in der folgenden, abschließenden Auflistung (vgl. Abschnitt 4.)
genannten Eigenerklärungen sind dem Angebot beizufügen.
Dabei ist dem jeweiligen Vordruck zu entnehmen, wer die Erklärung
auszufüllen hat (Bieter, Nachunternehmer, einzelnes Mitglied der
Bietergemeinschaft).
Die Vordrucke müssen die geforderten Angaben enthalten und mit Datum,
ggf. Firmenstempel und Unterschrift versehen werden. Falls
erforderlich, können die Angaben auf gesonderten Blättern unter
zwingender Einhaltung des Schemas des jeweiligen Vordrucks gemacht
werden. Verweise auf andere Inhalte innerhalb des Angebots oder auf
Literatur oder Broschüren können unvollständige Angaben auf den
Vordrucken nicht ersetzen.
Eigenerklärungen können auch ohne Originalunterschrift (z. B. aufgrund
der Übermittlung per Fax von einem Nachunternehmer an den
Generalunternehmer) eingereicht werden. Der Auftraggeber behält sich
jedoch vor, die Originale unter Fristsetzung nachzufordern. Sollten
diese dann nicht innerhalb der Frist nachgereicht werden, führt dies
zum Ausschluss des betreffenden Angebots.
Liste der Nachweise gem. § 9 EG Abs. 4 VOL/A:
Erklärung zur Bieterkonstellation;
Bevollmächtigung der Bietergemeinschaft;
Übersicht aller Nachunternehmer;
Erklärung über die Bereitstellung von Ressourcen;
Zuverlässigkeit / Sozialversicherung;
Berufshaftpflichtversicherung;
Erklärung zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit;
Datenschutzrechtliche Einwilligung;
Scientology-Schutzerklärung;
geforderte Daten für das Auskunftsersuchen gem. §19 Abs. 4 MiloG;
geforderte bzw. gewünschte Zertifikate je Eignungs- und
Leistungskriterium;
Erklärung Verbindliches Angebot inkl. Preispositionen.
Hinweis:
Die Eigenerklärung 4.5 Berufshaftpflichtversicherung enthält einen
Mindeststandard:
Der Auftraggeber fordert eine Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Versicherungaus
einem Mitgliedsstaat der EU mit folgenden Mindestdeckungssummen
(Mindeststandard je Schadensfall(Mindeststandard):
Personenschäden mindestens 1 000 000 EUR;
Sachschäden mindestens 1 000 000 EUR;
Vermögensschäden mindestens 500 000 EUR.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Hinweis:
Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
etc. finden sich in dem Dokument, Bewerbungsbedingungen und
Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
Angebotserstellung. Diese werden unter [10]http://www.muenchen.de/vgst3
zum Download zur Verfügung gestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung
auf Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer
auf die genannten Dokumente.
Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: A.2.1. Gesamtjahresumsatz:
Bitte bestätigen Sie, dass der durchschnittliche Gesamtjahresumsatz
Ihres Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahre mindestens
500.000,00 Euro netto (Mindeststandard) betragen hat.
Hinweis: Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz von Nachunternehmern
werden die Umsatzzahlen addiert, sind jedoch getrennt nach den
beteiligten Firmen aufzuführen.
Geben Sie neben der Bestätigung (Ja/Nein) auch die
Nettoumsatzzahlen Ihres und aller beteiligten Unternehmen für die
Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014 an.
Die aufaddierten Umsatzzahlen je Kalenderjahr müssen im Durchschnitt
mindestens 500 000,00 EUR netto betragen, um den Voraussetzungen für
dieses Kriterium zu genügen!
(Ausschlusskriterium Ja/Nein und Angaben von Nettoumsatzzahlen)
A.2.2.Personal:
Benennen Sie die Gesamtzahl der fest angestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter jeweils getrennt für die letzten 3 Geschäftsjahre.
Gefordert wird hierbei eine Mitarbeiterzahl von jeweils mindestens zehn
Personen (Mindeststandard).
Hinweis: Bei Bewerbergemeinschaften und beim Einsatz von
Nachunternehmern werden die Angaben für die Wertung addiert, sind
jedoch getrennt nach den beteiligten Firmen aufzuführen.
(Ausschlusskriterium, Angaben von Mitarbeiterzahlen).
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Hinweis:
Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
etc. finden sich in dem DokumentBewerbungsbedingungen und
Eignungsanforderungen sowie den losspezifischen Dokumenten für die
Angebotserstellung. Diese werden unter [11]http://www.muenchen.de/vgst3
zum Download zur Verfügunggestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung auf
Abschnitte oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer auf
die genannten Dokumente.
Die Bewerbungsbedingungen und die losspezifischen Dokumente enthalten
darüber hinaus unter anderem Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der
Angebote, zu den Anforderungen bei den jeweiligen Referenzprojekten,
Profilen und Kriterien, zur maximalen Seitenzahl bei der Darstellung
der Referenzprojekte, Profile und Kriterien, die Definitionen der
erwarteten Erfahrungslevel bei den Profilen, Kriterien usw.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
B.3.1. Referenzprojekte (420 GP):
Stellen Sie bis zu drei IT-Referenzprojekte bezogen auf den
Auftragsgegenstand der Digitalisierung von Akten dar.
Hierbei sollten Projekte bevorzugt bei einem öffentlichem Auftraggeber
dargestellt werden und die Referenzen sollen nicht älter als 4 Jahre
ausgehend vom Projektabschluss sein. Gehen Sie dabei auf die
angewandten Methoden und das spezifische Vorgehen ein. Es muss
nachvollziehbar sein, wie der Know-How-Transfer erfolgte.
Geben Sie dazu die in Abschnitt 2.3.1 der Bewerbungsbedingungen
aufgelisteten Angaben an. Bitte orientieren Sie sich an dieser
Auflistung. Es müssen sich alle genannten Punkte möglichst in der
vorgegebenen Reihenfolge wiederfinden.
Hinweis: die Darstellung sollte möglichst auf einer Seite pro Referenz
erfolgen und max. 15 DIN A4 Seiten umfassen (max. 5 Seiten DIN A4 pro
Referenz), Schriftgrad Arial 11 Pkt., Zeilenabstand 1,5.
Sofern Sie die maximale Seitenzahl überschreiten, werden nur die Seiten
1 5 pro Referenz bewertet, der Rest bleibt unberücksichtigt. Gleiches
gilt, wenn in der Referenz auf Anlagen verwiesen wird oder der Referenz
Anlagen beigefügt sind und in Summe die maximale Seitenzahl
überschritten wird.
Angaben, die einer Nachprüfung nicht standhalten, können zum Ausschluss
des Antrages führen. Es wird der Ansprechpartner des Referenzkunden
verlangt. Die Benennung des auftragnehmerseitigen Ansprechpartners (z.
B. Vertriebsbeauftragter) genügt nicht. Die LHM behält sich vor, die
Referenzen beim angegebenen Referenzkunden zu prüfen.
Jede, jedoch maximal die ersten drei von Ihnen benannten Referenzen, in
der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen zu einem Drittel (140
Gewichtungspunkte) der hier erreichbaren 420 Gewichtungspunkte ein.
Erfüllgsgrad:
Sollte das von Ihnen benannte Referenzprojekt älter als 4 Jahre
ausgehend vom Projektabschluss sein, wird dieses Referenzprojekt
automatisch mit 0 Eignungspunkten bewertet. Auch wenn es ansonsten alle
bzw. die andere Erwartungen an den Erfüllungsgrad erfüllt.
Angabe (4 Punkte)
Für jede abgegebene und nicht älter als 4 Jahre ausgehend vom
Projektabschluss alte Referenz werden vier Bewertungspunkte (4 Punkte)
vergeben.
Zusätzlich werden pro Referenz folgende Punkte bewertet:
Branche (max. 0,5 Punkte)
die Branche ist aus dem öffentlichen Bereich (0,5 Punkte)
Vergleichbare Hardware (max. 0,5 Punkte)
die angebotenen Dokumentenscanner wurden eingesetzt (0,5 Punkte)
Vergleichbare Software (max. 3 Punkte)
die angebotene Document-Capture-Software wurde eingesetzt (1 Punkt);
durch den Anbieter geliefert, installiert und konfiguriert (1 Punkt);
Dokument- und Metadaten wurden über eine Schnittstelle zu einem
externen Fachverfahren übermittelt (1 Punkt).
Vergleichbare Mengengerüste (max. 1 Punkt)
Das jährliche Scanvolumen im Projekt war
<= 2.000.000 Seiten (0 Punkte)
<= 3.000.000 Seiten (0,5 Punkte)
> 3.000.000 Seiten (1 Punkt)
Mitarbeit im Projekt (max. 1 Punkt)
Die vom Anbieter im Projekt geleisteten Aufwände beliefen sich auf
<= 20 PT (0 Punkte)
> 20 PT (0,5 Punkte)
> 40 PT (1 Punkt)B.4.1. Profil: IT-Projektleiterin/Projektleiter (200
GP).
B.4.1 Profil: Scanspezialistin/Scanspezialist (380 GP)
Bitte weisen Sie nach, dass Sie für den Ausschreibungsgegenstand eine
geeignete Scanspezialistin oder einen geeigneten Scanspezialist
einsetzen können.
Bitte geben Sie dazu zwei Profile an.
Erwartet werden langjährige Erfahrung (>= 3 Jahre) bezogen auf den
Auftragsgegenstand bei
Installation und Konfiguration von Scanhard- und -software,
Prozess- und Anforderungsanalyse,
technische Integrationsberatung sowie
Fehleranalyse und -behebung.
Geben Sie dazu jeweils die in Abschnit 2.3.2 der Bewerbungsbedingungen
aufgelisteten Angaben an und beachten Sie die dortigen verbindlichen
Hinweise.
Hinweis:
Jedes, jedoch maximal die ersten Zwei von Ihnen benannten Profile, in
der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen mit maximal jeweils
der Hälfte der erreichbaren Gewichtungspunkte (GP) ein.
Erfüllungsgrad:
Firmenzugehörigkeit (max. 2 Punkte)
bis zu 6 Monate (0 Punkte),
6-12 Monate (1 Punkt)
mehr als 12 Monate (2 Punkte)
Berufserfahrung im Bereich Dokumentendigitalisierung (max. 2 Punkte)
bis zu 2 Jahren (0,5 Punkte)
2-3 Jahre (1 Punkte)
>= 3 Jahre (2 Punkte)
Referenzprojekte jünger als oder 4 Jahre alt sind und Durchführung von
(max. 6 Punkte)
Scanhardware Installation und Konfiguration (1 Punkt)
angebotene Scansoftware Installation und Konfiguration (2 Punkte)
Prozess- und Anforderungsanalyse (1 Punkt)
technische Integrationsberatung (bspw. Schnittstellen zu
Fachapplikation) (1 Punkt)
Fehleranalyse und -behebung (1 Punkt)
Angaben aus Referenzprojekten die älter als 4 Jahre sind, werden bei
der Wertung nicht berücksichtigt.
B.4.2. Profil: Trainerin/Trainer
Bitte weisen Sie nach, dass Sie für den Ausschreibungsgegenstand eine
geeignete Trainerin oder einen geeigneten Trainer einsetzen können.
Bitte geben Sie dazu zwei Profile an.
Erwartet werden Erfahrung (>= 2 Jahre) bezogen auf den
Auftragsgegenstand bei:
Konzeption und Durchführung von Schulungen für die angebotene
Scanhard- und -software gegenüber Scanbearbeitern sowie
technischen und Fachadministratoren.
Geben Sie dazu jeweils die in Abschnit 2.3.2 der Bewerbungsbedingungen
aufgelisteten Angaben an und beachten Sie die dortigen verbindlichen
Hinweise.
Hinweis: Jedes, jedoch maximal die ersten zwei von Ihnen benannten
Profile, in der von ihnen eingereichten Reihenfolge, fließen mit
maximal jeweils der Hälfte der erreichbaren Gewichtungspunkte (GP) ein.
Erfüllungsgrad:
Die Firmenzugehörigkeit und/oder nachgewiesene Schulungserfahrung im
Bereich Dokumentendigitalisierung (max. 4 Punkte)
bis zu 6 Monate (0 Punkte),
6-12 Monate (2 Punkte)
mehr als 12 Monate (4 Punkte)
Referenzprojekte jünger als oder 4 Jahre alt sind und Durchführung von
(max. 6 Punkte)
Schulungen für Scanhardware (2 Punkte)
Schulungen für die angebotene Scansoftware (3 Punkte)
Schulungskonzeption für Scanhardware oder -software (1 Punkte)
Angaben aus Referenzprojekten die älter als 4 Jahre sind, werden bei
der Wertung nicht berücksichtigt.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
ITM-2015-BauDi-DCS
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Sonstige frühere Bekanntmachungen
Bekanntmachungsnummer im ABl: [12]2015/S 219-399191 vom 12.11.2015
Bekanntmachungsnummer im ABl: [13]2015/S 142-260856 vom 25.7.2015
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
29.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 31.5.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Zusätzliche Unterlagen:
Die in nachfolgender Beschreibung genannten Tabellen, Beschreibungen
etc. finden sich in den DokumentenBewerbungsbedingungen und
Eignungs-/Leistungsanforderungen für die Angebotserstellung. Diese
werden unter [14]http://www.muenchen.de/vgst3 zum Download zur
Verfügunggestellt. Soweit in dieser Bekanntmachung auf Abschnitte
oder Kapitel verwiesen wird, bezieht sich dies immer auf die
genannten Dokumente.
Die Bewerbungsbedingungen enthalten darüber hinaus unter anderem
Angaben zu Aufbau, Form und Inhalt der Angebote, zu den Anforderungen
bei den jeweiligen Referenzprojekten, Profilen und Kriterien, zur
maximalen Seitenzahl bei der Darstellung der Referenzprojekte, Profile
und Kriterien, die Definitionen der erwarteten Erfahrungslevel bzw.
Erfüllungsgrad bei den Profilen, Kriterien usw..
Rückfragen:
Rückfragen sind ausschließlich per eMail an die Kontaktstelle (vgl.
I.1)) zu richten.
Bieterfragen:
Eventuell auftretende Fragen sollen umgehend, jedoch spätestens bis
17.2.2016 12:00 Uhr an folgende EMail Adresse gesendet werden:
[15]itm.vergabe@muenchen.de
Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig
eingehende Fragen werden gesammelt und zeitnah in Form eines Fragen-
und Antwortenkataloges im Internet unter der unter I.1 angegebenen
Internetadresse der Landeshauptstadt München eingestellt.
Die Bieterfragen und die entsprechenden Antworten werden Bestandteil
der Vergabeunterlagen.
Unterstützung des Auftraggebers
Die Landeshauptstadt München (LHM) wird bei der Durchführung des
Vergabeverfahrens von Beratungsunternehmen unterstützt.
Alle eingereichten Unterlagen werden daher auch den beteiligten
Mitarbeitern dieser Beratungsunternehmen zugänglich gemacht. Diese
Mitarbeiter unterliegen hinsichtlich aller Informationen zu den
Bewerbern und zu den Inhalten der Teilnahmeanträge der Bewerber der
Geheimhaltungspflicht und haben eine entsprechende schriftliche
Erklärung der Vergabestelle unterzeichnet, die sie nach dem BDSG und
dem BayDSG verpflichten. Die Einhaltung der Geheimhaltungspflicht ist
innerhalb des Beratungsunternehmens durch entsprechende
Compliance-Maßnahmen abgesichert.
Die LHM trifft alle relevanten Entscheidungen, die dieses Verfahren
betreffen, selbständig und in alleiniger Verantwortung. Die externen
Dienstleister schlagen insoweit lediglich die durch Anforderungen
abzudeckenden Inhalte in objektiver und an den Interessen der LHM
orientierter Weise vor und überprüfen die vom Auftraggeber
aufgestellten inhaltlichen Anforderungen insbesondere auf technische
Sinnhaftigkeit, Realisierbarkeit und Vergaberechtskonformität
(insbesondere hinsichtlich etwaiger Diskriminierungen,
Gleichbehandlungsgrundsatz,Transparenz, Produktneutralität etc.).
Abweichung vom Grundsatz der Losbildung
Die Landeshauptstadt München ist sich des Umstandes bewusst, dass sie
als öffentlicher Auftraggeber nach
§ 2 EG Abs. 2 Satz 2 VOL/A den Beschaffungsgegentand im Grundsatz nach
Fach- und Teillosen getrennt
vergeben muss. Unter einem Teillos versteht man dabei die Aufteilung in
mengenmäßiger oder räumlicher
Hinsicht, während das Fachlos auf die Aufteilung in verschiedene
Leistungsarten, Gewerbezweige oder
Fachgebiete abzielt. Insofern ist weiter zu beachten, dass die
Forderung nach der Bildung von Teil- und auch
Fachlosen selbständig nebeneinander steht und damit grundsätzlich
sowohl Teil- als auch Fachlose zu bilden
sind.
Eine Abweichung vom Grundsatz der Losbildung ist nur zulässig, wenn
wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Es wurde überprüft, ob die Bildung von Losen zu einem
unverhältnismäßig hohen finanziellen
Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
Aufträgen und Störungen führen
würde.
Von der Bildung von Fachlosen wurde bei der vorliegenden Ausschreibung
abgesehen, da der Hardware-
Leistungsgegenstand zwingend mit der Document-Capture-Software
kompatibel sein muss und potentielle Bieter somit
das gesamte Aufgabenspektrum übernehmen müssen. Zudem müssen die
einzelnen Schritte nahtlos ohne
Verzögerung fortgesetzt werden.
Außerdem bestehen schon aufgrund von Urheber- und Nutzungsrechten
faktische und rechtliche Restriktionenseitens des Softwareanbieters,
die eine Erbringung von Customizing- und Pflegeleistungen durch Dritte
augenscheinlich unmöglich machen.
Auf die Bildung von Teillosen wurde u. a. verzichtet, da
mittelständische Interessen schon aufgrund des
Auftragsvolumens gewahrt sind.
Nach Abwägung aller für und gegen sprechenden Argumente überwiegen aus
Sicht der Landeshauptstadt
München klar die Argumente gegen eine Aufteilung nach Losen. Die
Leistung wird daher im Wege einer
Gesamtvergabe ausgeschrieben.
Mit Abgabe eines Angebots erklären sich die Bieter mit dieser
Vorgehensweise einverstanden.
Hinweis zum geschätzten Höchst-(Auftrags-)Wert ohne MwSt in Abschnitt
II.2.1 gemäß § 3 Abs. 4 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2
der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung VgV):
Der Wert wurde aus den unter II.2.2. genannten Optionen (über die
gesamte max. Vertragslaufzeit von 10 Jahren) und den geschätzten Kosten
innerhalb der ersten 48 Monate gebildet.
Eine eventueller Bedarf an einem oder mehreren Großformat- oder
Kart-/Auflichtscannern ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und
wird erst nach Inbetriebnahme der Document-Capture-Software inkl. der
Dokumentenscanner evaluiert und danach bei Bereitstellung
entsprechender Haushaltsmittel gesondert ausgeschrieben.
Zur besseren elektronischen Bearbeitung der Dokumente wird auch das
vorhandene Fachverfahren angepasst. Diese Anpassungen sind nicht
Bestandteil dieser Ausschreibung, müssen aber im Rahmen von
Schnittstellenanpassungen (Beschreibung, Konfiguration) mit beachtet
werden.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
80534 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [16]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es
wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das
hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften,
die sie erkannt haben gegenüber der Vergabestelle unverzüglich, das
heißt ohne schuldhaftes Zögern, zu rügen haben und weiterhin Verstöße
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar
sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gegenüber der Vergabestelle zu rügen sind (vgl. § 107
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 GWB), damit die Bieter für den Fall, dass
der Rüge nicht abgeholfen wird, ein Nachprüfungsverfahren vor der
Vergabekammer anstreben können.
Sofern die Vergabestelle einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht
abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb von längstens 15
Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle
diesbezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten
(vgl. § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern
80534 München
DEUTSCHLAND
E-Mail: [17]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
7.1.2016
References
6. mailto:IT@M?subject=TED
7. mailto:itm.vergabe@muenchen.de?subject=TED
8. http://www.muenchen.de/
9. http://www.muenchen.de/vgst3
10. http://www.muenchen.de/vgst3
11. http://www.muenchen.de/vgst3
12. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399191-2015:TEXT:DE:HTML
13. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260856-2015:TEXT:DE:HTML
14. http://www.muenchen.de/vgst3
15. mailto:itm.vergabe@muenchen.de?subject=TED
16. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
17. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Elektrizität - HU-Nyíregyháza
Elektrizität
Dokument Nr...: 6473-2016 (ID: 2016010909051743943)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
HU-Nyíregyháza: Elektrizität
2016/S 6/2016 6473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltet és Vagyonkezel Nonprofit Kft.
AK05774
Tüzér u. 24.
Kontaktstelle(n): NYÍRVV Nonprofit Kft.
Zu Händen von: Szalai István, mszaki igazgató
4400 Nyíregyháza
UNGARN
Telefon: +36 42548460
E-Mail: [4]varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.nyirvv.hu
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000
Beschreibung
Elektrizität.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 340 724 048 HUF
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 01 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 90 015 659 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 02 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 96 027 874 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 03 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 867 137 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 04 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 8 704 826 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 05 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 652 510 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 06 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 81 562 905 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 07 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 7 925 941 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 08 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 723 038 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 09 Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 350 163 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 886 811 HUF
ohne MwSt
Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
UNGARN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 007 184 HUF
ohne MwSt
References
4. mailto:varosuzemeltetes@nyirvv.hu?subject=TED
5. http://www.nyirvv.hu/
OT: 09/01/2016 S6 - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás
eredményérl - Nyílt eljárás
Magyarország-Nyíregyháza: Villamos energia
2016/S 006-006473
Tájékoztató az eljárás eredményérl
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltet és Vagyonkezel Nonprofit Kft.
AK05774
Tüzér u. 24.
Kapcsolattartási pont(ok): NYÍRVV Nonprofit Kft.
Címzett: Szalai István, mszaki igazgató
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 42548460
E-mail: [6]varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér általános címe: [7]www.nyirvv.hu
I.2)Az ajánlatkér típusa
Közjogi intézmény
I.3)F tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérk nevében
Az ajánlatkér más ajánlatkérk nevében végzi a beszerzést: igen
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
AK05767
Kossuth tér 1.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Sóstó-gyógyfürdk Zrt.
AK11020
Szódaház u. 18.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürd
MAGYARORSZÁG
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
AK19254
Bessenyei tér 13.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ak16984
Bokréta u. 22.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Nyíregyházi Távhszolgáltató Kft.
AK05773
Népkert u. 12.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Ak18021
Sóstói u. 24.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
AK22242
Pazonyi tér 5.
4400 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerzdés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerzdéshez rendelt elnevezés
Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az
önkormányzati tulajdonú az ajánlati felhívásban meghatározott
gazdasági társaságok részére.
II.1.2)A szerzdés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Nyíregyháza közigazgatási területén lév
fogyasztási helyek részletes felsorolását a dokumentáció tartalmazza.
NUTS-kód HU323
II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
II.1.4)A szerzdés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Villamosenergia-adásvételi szerzdés.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09310000
II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
igen
II.2)A szerzdés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerzdés(ek) végleges összértéke
Érték: 340 724 048 HUF
Áfa nélkül
IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerzdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [8]2015/S 202-365817 17.10.2015
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerzdés száma: 01 Rész száma: 1 - Elnevezés: 01. rész: 4 924 809
kWh + 30 %/év villamos energia szállítása közvilágítás ellátására a
NYÍRVV Nonprofit Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 90 015 659 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 02 Rész száma: 2 - Elnevezés: 02. rész: 4 523 429
kWh + 30 %/év villamos energia szállítása közintézmények, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. székhelye, telephelyei és egyéb vételezési helyek
számára
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 96 027 874 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 03 Rész száma: 3 - Elnevezés: 03. rész: 268 962 kWh
+ 30 %/év nem lakáscélú fogyasztási helyek villamos energia ellátása a
NYÍRVV Nonprofit Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 5 867 137 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 04 Rész száma: 4 - Elnevezés: 04. rész: 408 080 kWh
+ 30 %/év villamos energia szállítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 8 704 826 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 05 Rész száma: 5 - Elnevezés: 05. rész: 29 216 kWh +
30 %/év villamos energia szállítása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kert köz 6. szám alatti fogyasztási
helye részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 652 510 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 06 Rész száma: 6 - Elnevezés: 06. rész: 4 050 400
kWh + 30 %/év villamos energia szállítása a Sóstó Gyógyfürdk Zrt.
részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 81 562 905 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 07 Rész száma: 7 - Elnevezés: 07. rész: 378 453 kWh
+ 30 %/év villamos energia szállítása a Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 7 925 941 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 08 Rész száma: 8 - Elnevezés: 08. rész: 1 774 000
kWh + 30 %/év villamos energia szállítása a Nyírtávh Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 35 723 038 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 09 Rész száma: 9 - Elnevezés: 09. rész: 259 000 kWh
+ 30 %/év villamos energia szállítása a Térségi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 02
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 5 350 163 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 10 Rész száma: 10 - Elnevezés: 10. rész: 284 979 KWh
+ 30 %/év villamosenergia szállítása a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 5 886 811 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
A szerzdés száma: 11 Rész száma: 11 - Elnevezés: 11. rész: 145 577 Kwh
+ 30 %/év villamosenergia szállítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat részére
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának idpontja:
7.12.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szerepl neve és címe
E.On Energiakereskedelmi Kft.
Széchenyi I. tér 78.
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
V.4)A szerzdés értékére vonatkozó információk
A szerzdés végleges összértéke:
Érték: 3 007 184 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínsíthet alvállalkozók igénybevétele a szerzdés
teljesítéséhez: nem
VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerzdés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A 92/2011. (XII.30.) NFM-rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
a nyertes ajánlattevnek a kis- és középvállalkozásokról, fejldésük
támogatásáról szóló törvény szerinti minsítése: egyéb.
Az eljárás valamennyi rész vonatkozásában eredményesen zárult.
Az ajánlattev neve, címe:
E.On Energiakereskedelmi Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér
78., fax: +36 13275532, e-mail: [9]istvan.fenyvesi@eon-hungaria.com,
Magyar Áramszolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci u. 7274., fax: +36
12382037, e-mail: [10]andrea.antal@masz.co.hu e-mail:
[11]emegyeri@mvmp.hu
Valamennyi rész vonatkozásában a fentiekben felsorolt ajánlattevk
nyújtottak be ajánlatot.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 118828594
Fax: +36 118828593
VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ: Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a
következ szervtl szerezhet be
Közbeszerzési Döntbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: [13]dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 118828594
Fax: +36 118828593
VI.4)E hirdetmény feladásának idpontja:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Operationstechnik - LT-Kaunas
Operationstechnik
Dokument Nr...: 6573-2016 (ID: 2016010909061444035)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
LT-Kaunas: Operationstechnik
2016/S 6/2016 6573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin vieoji staiga Kauno
klinikos (Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno
klinikos)
135163499
Eiveni g. 2
Zu Händen von: Evelinai Pukei
LT-50009 Kaunas
LITAUEN
Telefon: +370 37787360
E-Mail: [4]evelina.puke@kaunoklinikos.lt
Fax: +370 37326427
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.kaunoklinikos.lt
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33160000
Beschreibung
Operationstechnik.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 57 838 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
UAB Ilsanta
110498671
Gedimino pr. 45-5
LT-01109 Vilnius
LITAUEN
Telefon: +370 52701222
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 37 994 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
UAB Ilsanta
110498671
Gedimino pr. 45-5
LT-Vilnius
LITAUEN
Telefon: +370 52701222
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 19 844 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 21
References
4. mailto:evelina.puke@kaunoklinikos.lt?subject=TED
5. http://www.kaunoklinikos.lt/
6. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
7. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
OT: 09/01/2016 S6 - - Preks - Skelbimas apie sutarties sudarym -
Atviras konkursas
Lietuva-Kaunas: Operacini technin ranga
2016/S 006-006573
Skelbimas apie sutarties sudarym
Preks
Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkanioji organizacija
I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin vieoji staiga Kauno
klinikos (Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin Kauno
klinikos)
135163499
Eiveni g. 2
Kam: Evelinai Pukei
LT-50009 Kaunas
LIETUVA
Telefonas: +370 37787360
El. patas: [6]evelina.puke@kaunoklinikos.lt
Faksas: +370 37326427
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkaniosios organizacijos adresas:
[7]http://www.kaunoklinikos.lt
Elektronin prieiga prie informacijos:
[8]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasilym ir paraik dalyvauti pirkimo procedroje
teikimas: [9]https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)Perkaniosios organizacijos tipas
staiga, kurios veikl reglamentuoja vieoji teis
I.3)Pagrindin veikla
Sveikata
I.4)Sutarties sudarymas kit perkanij organizacij vardu
Perkanioji organizacija perka kit perkanij organizacij vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas
II.1)Apraymas
II.1.1)Sutariai suteiktas pavadinimas
Operacinis stalas ir operacin lempa.
II.1.2)Sutarties tipas ir darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug
teikimo vieta
Preks
Pirkimas
Pagrindin darb atlikimo, preki pristatymo ar paslaug teikimo vieta:
Onkologijos ligonin, Volungi g. 16, Kaunas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarj susitarim arba dinamin pirkimo
sistem (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-) apraymas
Operacinis stalas ir operacin lempa.
II.1.5)Bendrasis viej pirkim odynas (BVP)
33160000
II.1.6)Informacija apie Sutart dl viej pirkim (SVP)
Ar sutariai taikoma Sutartis dl viej pirkim (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutin sutarties(-i) vert
II.2.1)Bendra galutin sutarties(-i) vert
Vert: 57 838 EUR
Su PVM. PVM tarifas (%) 21
IV dalis: Procedra
IV.1)Procedros tipas
IV.1.1)Procedros tipas
Atvira procedra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Maiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektronin aukcion
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracin informacija
IV.3.1)Perkaniosios organizacijos priskirtas bylos numeris
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie t pai sutart
Iankstinis informacinis skelbimas
Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [10]2015/S
028-046593 10.2.2015
Skelbimas apie pirkim
Skelbimo Europos Sjungos oficialiajame leidinyje numeris: [11]2015/S
147-270124 1.8.2015
V dalis: Sutarties sudarymas
Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:
Operacinis stalas
V.1)Sprendimo dl sutarties sudarymo primimo data:
26.11.2015
V.2)Informacija apie pasilymus
Gaut pasilym skaiius: 1
V.3)kio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutart,
pavadinimas (vardas ir pavard) ir adresas
UAB Ilsanta
110498671
Gedimino pr. 45-5
LT-01109 Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52701222
V.4)Informacija apie sutarties vert
Bendra galutin sutarties vert:
Vert: 37 994 EUR
Su PVM. PVM tarifas (%) 21
V.5)Informacija apie subrangos sutari sudarym
Tiktina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
Sutartis Nr: 2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas:
Operacin lempa
V.1)Sprendimo dl sutarties sudarymo primimo data:
15.12.2015
V.2)Informacija apie pasilymus
Gaut pasilym skaiius: 4
V.3)kio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutart,
pavadinimas (vardas ir pavard) ir adresas
UAB Ilsanta
110498671
Gedimino pr. 45-5
LT-Vilnius
LIETUVA
Telefonas: +370 52701222
V.4)Informacija apie sutarties vert
Bendra galutin sutarties vert:
Vert: 19 844 EUR
Su PVM. PVM tarifas (%) 21
V.5)Informacija apie subrangos sutari sudarym
Tiktina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
VI dalis: Papildoma informacija
VI.1)Informacija apie Europos Sjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama
Europos Sjungos fond lomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skund pateikimo procedra
VI.3.1)U skund pateikimo procedr atsakinga staiga
VI.3.2)Skund pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skund pateikim
VI.4)io skelbimo isiuntimo data:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigung von Unterkünften - DK-Kolding
Reinigung von Unterkünften
Dokument Nr...: 6673-2016 (ID: 2016010909071144136)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
DK-Kolding: Reinigung von Unterkünften
2016/S 6/2016 6673
Indkøbsfællesskabet IFIRS, c/o Hansenberg, Skovvangen 28, Zu Händen
von: Anders Lovén, Kolding 6000, DÄNEMARK. Telefon: +45 40112742.
E-Mail: alo@ifirs.dk
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 24.12.2015, [1]2015/S
249-455198)
Betr.:
CPV:90911100, 90911100
Reinigung von Unterkünften
Reinigung von Unterkünften
Anstatt:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 10 skoler fordelt på
adresser i hele landet.
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
m.m. hos 10 uddannelsesinstitutioner i alt ca. 177.570 m2.
Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
31. juli 2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de
enkelte delaftaler.
Skolerne er beliggende på følgende adresser:
AMU Vest (Delaftale 1)
Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8.308 m2)
CELF (Delaftale 2)
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15.013 m2)
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m2)
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8.769 m2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12.712 m2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1.413 m2)
Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4.900 m2)
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3.900 m2)
Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8.000 m2)
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg
Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14.633 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5.112 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2.218 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m2)
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2.000 m2)
Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10.000 m2)
Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8.000 m2)
Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25.551 m2)
Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10.086 m2)
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m2)
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3.513 m2)
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10.682 m2)
VUC Vest (Delaftale 9)
Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8.182 m2)
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2.000 m2)
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Delaftale 10)
Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N (ca. 11.000 m2
Opgaven er opdelt i 10 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
[2]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [3]www.mercell.dk
indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
tilbud/ansøgning.
Oplysninger om delaftaler:
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
6705 Esbjerg Ø.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.308 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
følgende adresser:
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Søvej 6, 4900 Nakskov
Søvej 6, 4900 Nakskov.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 38.576 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
adresser:
Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.800 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
adresser:
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, laboratorier og autoværksted m.m.) hos
Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 24.682 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000
Kolding.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160
Tørring.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
Holstebro på følgende adresser:
Døesvej 70, 7500 Holstebro
Døesvej 76, 7500 Holstebro
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 50.022 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10.182 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Social- og Sundhedsskolen Esbjerg,
Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 11.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
muss es heißen:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 9 skoler fordelt på
adresser i hele landet.
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
m.m. hos 9 uddannelsesinstitutioner i alt ca. 166 570 m^2.
Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
31.7.2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de enkelte
delaftaler.
Skolerne er beliggende på følgende adresser:
AMU Vest (Delaftale 1)
Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8 308 m^2)
CELF (Delaftale 2)
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15 013 m^2)
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m^2)
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8 769 m^2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12 712 m^2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1 413 m^2)
Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4 900 m^2)
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3 900 m^2)
Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8 000 m^2)
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg
Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14 633 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5 112 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2 218 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m^2)
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2 000 m^2)
Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10 000 m^2)
Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8 000 m^2)
Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25 551 m^2)
Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10 086 m^2)
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m^2)
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3 513 m^2)
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10 682 m^2)
VUC Vest (Delaftale 9)
Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8 182 m^2)
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2 000 m^2)
Opgaven er opdelt i 9 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
[4]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [5]www.mercell.dk
indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
tilbud/ansøgning.
Oplysninger om delaftaler:
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
6705 Esbjerg Ø.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 308 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
følgende adresser:
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Søvej 6, 4900 Nakskov
Søvej 6, 4900 Nakskov.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 38 576 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
adresser:
Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 800 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
adresser:
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, laboratorier og autoværkstedm.m.) hos
Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 24 682 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium,Skovvangen 10, 6000
Kolding.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium,Kirkevej 20, 7160
Tørring.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
Holstebro på følgende adresser:
Døesvej 70, 7500 Holstebro
Døesvej 76, 7500 Holstebro
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 50 022 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10 182 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Weitere zusätzliche Informationen
Delaftale 10 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg udgår af nærværende
udbud.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455198-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://permalink.mercell.com/55389021.aspx
3. http://www.mercell.dk/
4. http://permalink.mercell.com/55389021.aspx
5. http://www.mercell.dk/
OT: 09/01/2016 S6 - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger -
Begrænset udbud
Danmark-Kolding: Rengøring af lokaler
2016/S 006-006673
Indkøbsfællesskabet IFIRS, c/o Hansenberg, Skovvangen 28, Att: Anders
Lovén, Kolding 6000, DANMARK. Telefon: +45 40112742. Mailadresse:
alo@ifirs.dk
(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 24.12.2015, [1]2015/S
249-455198)
Vedr:
CPV:90911100, 90911100
Rengøring af lokaler
Rengøring af lokaler
I stedet for:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 10 skoler fordelt på
adresser i hele landet.
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
m.m. hos 10 uddannelsesinstitutioner i alt ca. 177.570 m2.
Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
31. juli 2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de
enkelte delaftaler.
Skolerne er beliggende på følgende adresser:
AMU Vest (Delaftale 1)
Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8.308 m2)
CELF (Delaftale 2)
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15.013 m2)
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m2)
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8.769 m2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12.712 m2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1.413 m2)
Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4.900 m2)
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3.900 m2)
Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8.000 m2)
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg
Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14.633 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5.112 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2.218 m2)
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m2)
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2.000 m2)
Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10.000 m2)
Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8.000 m2)
Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25.551 m2)
Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10.086 m2)
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m2)
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3.513 m2)
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10.682 m2)
VUC Vest (Delaftale 9)
Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8.182 m2)
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2.000 m2)
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Delaftale 10)
Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N (ca. 11.000 m2
Opgaven er opdelt i 10 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
[2]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [3]www.mercell.dk
indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
tilbud/ansøgning.
Oplysninger om delaftaler:
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
6705 Esbjerg Ø.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.308 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
følgende adresser:
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Søvej 6, 4900 Nakskov
Søvej 6, 4900 Nakskov.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 38.576 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
adresser:
Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.800 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
adresser:
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, laboratorier og autoværksted m.m.) hos
Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 24.682 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000
Kolding.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160
Tørring.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
Holstebro på følgende adresser:
Døesvej 70, 7500 Holstebro
Døesvej 76, 7500 Holstebro
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 50.022 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10.182 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. januar 2017.
Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Social- og Sundhedsskolen Esbjerg,
Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 11.000 m².
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1. august 2016.
Læses:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø
CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C
Kolding Gymnasium, Skovvangen 10, 6000 Kolding
Tørring Gymnasium, Kirkevej 20, 7160 Tørring
Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne:
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 9 skoler fordelt på
adresser i hele landet.
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på
vegne af Indkøbsfællesskabet IFIRS.
Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) samt laboratorier, værksteder, klinikker
m.m. hos 9 uddannelsesinstitutioner i alt ca. 166 570 m^2.
Der gøres opmærksom på, at de enkelte delaftaler har forskellige
tidspunkter for kontraktstart, men at samtlige kontrakter udløber den
31.7.2019. Oplysning om kontraktlængde findes angivet under de enkelte
delaftaler.
Skolerne er beliggende på følgende adresser:
AMU Vest (Delaftale 1)
Spangsbjerg Møllevej 304, 6705 Esbjerg Ø (ca. 8 308 m^2)
CELF (Delaftale 2)
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. (ca. 15 013 m^2)
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F. (ca. 669 m^2)
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. (ca. 8 769 m^2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 12 712 m^2)
Søvej 6, 4900 Nakskov (ca. 1 413 m^2)
Erhvervsakademi MidtVest (Delaftale 3)
Gl. Landevej 2, 7400 Herning (ca. 4 900 m^2)
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro (ca. 3 900 m^2)
Erhvervsakademi SydVest (Delaftale 4) (ca. 8 000 m^2)
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg
Erhvervsakademiet Lillebælt (Delaftale 5)
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C (ca. 14 633 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C (ca. 5 112 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C (ca. 2 218 m^2)
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C (ca. 719 m^2)
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C (ca. 2 000 m^2)
Kolding Gymnasium (Delaftale 6)
Skovvangen 10, 6000 Kolding (ca. 10 000 m^2)
Tørring Gymnasium (Delaftale 7)
Kirkevej 20, 7160 Tørring (ca. 8 000 m^2)
Uddannelsescenter Holstebro (Delaftale 8)
Døesvej 70, 7500 Holstebro (ca. 25 551 m^2)
Døesvej 76, 7500 Holstebro (ca. 10 086 m^2)
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro (ca. 190 m^2)
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro (ca. 3 513 m^2)
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro (ca. 10 682 m^2)
VUC Vest (Delaftale 9)
Stormgade 47, 6700 Esbjerg (ca. 8 182 m^2)
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen (ca. 2 000 m^2)
Opgaven er opdelt i 9 delaftaler, som er nærmere beskrevet i bilagene.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem
Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
[4]http://permalink.mercell.com/55389021.aspx Her tilmelder du dig
opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt
du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en
registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din
videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle
udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til [5]www.mercell.dk
indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit
tilbud/ansøgning.
Oplysninger om delaftaler:
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: AMU Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304,
6705 Esbjerg Ø.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 308 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: CELF
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, klinikker, laboratorier m.m.) hos CELF på
følgende adresser:
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
Holger Brodthagens Vej 4, 4800 Nykøbing F.
Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Søvej 6, 4900 Nakskov
Søvej 6, 4900 Nakskov.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 38 576 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Erhvervsakademi MidtVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi MidtVest på følgende
adresser:
Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 800 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Erhvervsakademi SydVest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Erhvervsakademi SydVest på følgende
adresser:
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg
Østergade 53, 6400 Sønderborg.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Erhvervsakademiet Lillebælt
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, laboratorier og autoværkstedm.m.) hos
Erhvervsakademiet Lillebælt på følgende adresser:
Seebladsgade 1-8, Bygning A, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning B, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning C, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Bygning D, 5000 Odense C
Seebladsgade 1-8, Boxen, 5000 Odense C.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 24 682 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Kolding Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Kolding Gymnasium,Skovvangen 10, 6000
Kolding.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Tørring Gymnasium
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos Tørring Gymnasium,Kirkevej 20, 7160
Tørring.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 8 000 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.8.2016.
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Uddannelsescenter Holstebro
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler, værksteder m.m.) hos Uddannelsescenter
Holstebro på følgende adresser:
Døesvej 70, 7500 Holstebro
Døesvej 76, 7500 Holstebro
Nr. Boulevard 25, 7500 Holstebro
Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 50 022 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: VUC Vest
1) Kort beskrivelse
Rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og
administrationslokaler m.m.) hos VUC Vest på følgende adresser:
Stormgade 47, 6700 Esbjerg
Baungårdsvej 2, 6600 Vejen.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90911100
3) Mængde eller omfang
Ca. 10 182 m^2.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for
start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 31 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan
udvælges til at byde på flere delaftaler.
Forventet dato for kontraktstart er den 1.1.2017.
Yderligere supplerende oplysninger
Delaftale 10 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg udgår af nærværende
udbud.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungsdienste - CZ-Prag
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 673-2016 (ID: 2016010209312837964)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
CZ-Prag: Reinigungsdienste
2016/S 1/2016 673
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ústav pro péi o matku a dít
00023698
Podolské nábeí 157/36
Zu Händen von: Gabriela Kalousková
147 00 Praha
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 296511813
E-Mail: [4]gabriela.kalouskova@upmd.eu
Fax: +420 296511505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.upmd.cz
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90910000
Beschreibung
Reinigungsdienste.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Tschechisch.
References
4. mailto:gabriela.kalouskova@upmd.eu?subject=TED
5. http://www.upmd.cz/
6. https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
OT: 02/01/2016 S1 - - Sluby - Oznámení zadávacího ízení - Otevené
ízení
eská republika-Praha: Úklidové sluby
2016/S 001-000673
Oznámení o zakázce
Sluby
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
Ústav pro péi o matku a dít
00023698
Podolské nábeí 157/36
K rukám: Gabriela Kalousková
147 00 Praha
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 296511813
E-mail: [6]gabriela.kalouskova@upmd.eu
Fax: +420 296511505
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://www.upmd.cz
Adresa profilu kupujícího:
[8]https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
Dalí informace lze získat: na výe uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a dalí dokumenty (vetn dokument k soutnímu
dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výe uvedená
kontaktní místa
Nabídky nebo ádosti o úast musí být zaslány: na výe uvedená
kontaktní místa
I.2)Druh veejného zadavatele
Celostátní i federální úad/agentura
I.3)Hlavní pedmt innosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce veejným zadavatelem:
Zajitní komplexních úklidových slueb pro Ústav pro péi o matku a
dít 2015 II.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Sluby
Kategorie slueb . 14: Úklidové sluby a domovní správa
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní:
Podolské nábeí 157/36, 147 00 Praha 4.
Kód NUTS CZ010
II.1.3)Informace o veejné zakázce, rámcové smlouv nebo dynamickém
nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouv
II.1.5)Struný popis zakázky nebo nákupu()
Veejná zakázka spoívá v zajitní komplexních úklidových slueb pro
zadavatele.
II.1.6)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
90910000
II.1.7)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)ásti zakázky
Rozdlení zakázky na ásti: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou pijímány varianty: ne
II.2)Mnoství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové mnoství nebo rozsah:
Uvete odhadovanou hodnotu bez DPH: 22 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhta pro dokonení
Doba trvání v msících: 48 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanní a technické informace
III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Poadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, pípadn odkaz
na písluná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatel, jim bude
zakázka zadána:
III.1.4)Dalí zvlátní podmínky
III.2)Podmínky úasti
III.2.1)Profesní kvalifikaní pedpoklady dodavatel, vetn poadavk
týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáe dodavatel
pedloením:
výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpisu z
jiné obdobné evidence (nap. ivnostenský rejstík), pokud je v ní
zapsán,
dokladu o oprávnní k podnikání podle zvlátních právních pedpis v
rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího písluné ivnostenské oprávnní i licenci (tj. doklad o
oprávnní k podnikání, který musí pokrýt celý rozsah pedmtu veejné
zakázky),
osvdení krajské hygienické stanice o odborné zpsobilosti
dodavatele k výkonu dezinfekce v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o
ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon.
III.2.2)Ekonomická a finanní zpsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Dodavatel pedloí dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona estné prohláení o
své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku.
III.2.3)Technická zpsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly poadavky splnny:
Splnní technických kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné
zakázky na sluby prokáe dodavatel v souladu s § 56 odst. 2 zákona
pedloením:
seznamu významných slueb provedených dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (§ 56 odst. 2 písm.
a) zákona). Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Minimální úrove pípadn poadovaných standard:
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na sluby
III.3.1)Informace o vyhrazení urité profesi
Poskytování dané sluby je vyhrazeno urité profesi: ne
III.3.2)Zamstnanci odpovdní za provedení sluby
Právnické osoby by mly uvést jména a profesní kvalifikace zamstnanc
odpovdných za provedení dané sluby: ne
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.1.2)Omezení potu zájemc, kteí budou vyzváni k podání nabídek nebo
k úasti
IV.1.3)Sníení potu zájemc bhem vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodásky nejvýhodnjí nabídka z hlediska kritérií uvedených níe
1. Výe nabídkové ceny. Váha 70
2. Kvalita uchazeem zpracované smrnice o provádní úklidu. Váha 30
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Bude pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem:
0142/01/3761
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
Oznámení pedbných informací
íslo oznámení v Ú. vst: [9]2015/S 235-426485 ze dne 4.12.2015
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalích dokument
nebo dokumentace soutního dialogu
IV.3.4)Lhta pro doruení nabídek nebo ádostí o úast
22.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k úasti vybraným
zájemcm
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo ádosti o
úast vypracovány
etina.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán
do: 31.5.2016
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22.2.2016 - 10:00
Místo:
Sídlo zadavatele.
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.3)Dalí informace
VI.4)Odvolací ízení
VI.4.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [10]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: [11]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167112
VI.4.2)Podání odvolání
Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
napadá. Zadavatel je povinen vyídit námitky do 10 dn. Návrh je nutné
doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [12]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167112
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Baumschnitt - NL-Beek en Donk
Baumschnitt
Dokument Nr...: 6773-2016 (ID: 2016010909081144233)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
NL-Beek en Donk: Baumschnitt
2016/S 6/2016 6773
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
221959283
Postbus 190
Kontaktstelle(n): Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Hoofdkantoor
Zu Händen von: Jeroen Gijsbers
5740 AD Beek en Donk
NIEDERLANDE
Telefon: +31 615137850
E-Mail: [4]J.Gijsbers@bizob.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.bizob.nl
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77341000
Beschreibung
Baumschnitt.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2017 - 09:58
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Niederländisch.
References
4. mailto:J.Gijsbers@bizob.nl?subject=TED
5. http://www.bizob.nl/
6. https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
OT: 09/01/2016 S6 - - Diensten - Aankondiging van een opdracht -
Openbare procedure
Nederland-Beek en Donk: Snoeien van bomen
2016/S 006-006773
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
221959283
Postbus 190
Contactpunt(en): Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Hoofdkantoor
Ter attentie van: Jeroen Gijsbers
5740 AD Beek en Donk
NEDERLAND
Telefoon: +31 615137850
E-mail: [6]J.Gijsbers@bizob.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: [7]http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel:
[8]https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=34321
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:
neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Snoeien van bomen gemeente Laarbeek.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten: Laarbeek.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of
het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Looptijd van de raamovereenkomst
Jaar/jaren: 3
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de
raamovereenkomst
Geraamde waarde zonder btw: 0 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het dient te worden uitgevoerd in de gemeente Laarbeek en bestaat in
hoofdzaak uit:
a snoeien van bomen;
b afvoeren snoeihout;
c registreren uitgevoerd werk;
d opstellen van deelopdrachten;
e incidenteel rooien van bomen;
f bijkomende verplichtingen, zoals toepassen verkeersmaatregelen, etc.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
77341000
II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten
(GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 0 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten,
geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische
inlichtingen
III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Eis: 2.1 t/m 2.4 geen crimineel verleden.
Beschrijving:
De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die
kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2,
eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad,
(PbEG 1998, L 351);
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van
26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van
Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C
316);
d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr.
91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166)
zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement
en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Als veroordelingen als bedoeld onder a, b,c, of d worden in ieder geval
aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178,
225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter
of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Wetsverwijzing: geen crimineel verleden.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
toepassing is.
Eis: 3.1 geen faillissement of surseance van betaling.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van
faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt,
jegens hem geldt geen surseance van betaling of een
(faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert niet
in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke
procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of
regelgeving.
Wetsverwijzing: geen faillissement of surseance van betaling.
Bewijsstuk: handelsregister.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de
inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze
uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Eis: 3.2 geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel.
Beschrijving: tegen de gegadigde of inschrijver is geen onherroepelijk
geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van
toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor
hem relevante beroepsgedragsregel.
Wetsverwijzing: geen gerechtelijke uitspraak.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
toepassing is.
Eis: 3.3 geen ernstige beroepsfout.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van
zijn beroep geen ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst
aannemelijk kan worden gemaakt.
Wetsverwijzing: geen ernstige beroepsfout.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in
artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het
indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder
is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van
toepassing is.
Eis: 3.4 betalingen belastingen en premies.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft voldaan aan
verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of
belastingen.
Wetsverwijzing: betalingen belastingen en premies.
Bewijsstuk: verklaring belastinginspecteur.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan in eerste
instantie volstaan met het invullen en indienen van de eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de
inschrijving, niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze
uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.
Eis: 3.5 geen valse verklaringen.
Beschrijving: de gegadigde of inschrijver heeft zich niet in ernstige
mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd
of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.
Wetsverwijzing: geen valse verklaringen.
Bewijsstuk: eigen verklaring.
Toelichting op bewijsstuk: de gegadigde of inschrijver verklaart door
middel van het invullen en indienen van de Eigen verklaring voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten dat hij zich niet in
ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij
geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
Referentie-eis:
Ondernemer dient in de periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de
uiterste datum van aanmelding op een vakkundige en regelmatige wijze
projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen
termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de
volgende kerncompetenties benodigd waren:
Aan te tonen kerncompetenties:
1. Vakkundig snoeien van bomen (1 referentie).
Met de referentie dient opdrachtnemer aan te tonen dat:
bomen vakkundig zijn gesnoeid;
naar tevredenheid van opdrachtgever zijn gesnoeid;
er geen schade is toegebracht aan bomen of omgeving;
verkeersmaatregelen volgens eisen contract zijn toegepast;
een opdracht van ten minste 2 000 bomen in openbaar terrein met goed
gevolg heeft uitgevoerd.
2. Vakkundig rooien van bomen (1 referentie).
Met de referentie dient opdrachtnemer aan te tonen dat:
bomen vakkundig zijn gerooid;
naar tevredenheid van opdrachtgever zijn gerooid;
er geen schade is toegebracht aan de omgeving;
verkeersmaatregelen volgens eisen contract zijn toegepast;
een opdracht van ten minste 10 bomen in de openbare ruimte met goed
gevolg heeft uitgevoerd.
Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
invullen en indienen van de eigen verklaring voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
aantonen aan deze eis te voldoen door middel van een volledig ingevulde
en ondertekende referentieverklaring, inclusief tevredenheidsverklaring
van opdrachtgever(s). De referentieverklaring is als bijlage bij het
aanbestedingsdocument gevoegd.
Kwaliteitssysteem:
Om in aanmerking te komen voor inschrijving heeft gegadigde of
inschrijver een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitssysteem dat
voldoet aan de eisen en voorwaarden die verbonden zijn aan het
certificaat BRL boomverzorging van Stichting Groenkeur, en dat
periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
invullen en indienen van de eigen verklaring voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een kopie van het betreffende certificaat, aantonen aan
deze eis te voldoen.
Veiligheid:
De inschrijver of gegadigde heeft een vastgelegd en gecertificeerd
VGM-systeem zoals bijvoorbeeld VCA**, dat naast de veiligheid,
gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook toeziet op die van de
onderaannemers, en dat periodiek door een geaccrediteerde instelling
wordt getoetst.
Een gegadigde of inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het
invullen en indienen van de eigen verklaring voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.
Op aanvraag van de aanbestedende dienst kan de gegadigde of inschrijver
door middel van een kopie van het betreffende certificaat, aantonen aan
deze eis te voldoen.
Eventuele minimumeisen:
Referentie-eis:
Het doel van de referenties is aan te tonen dat betreffende
opdrachtgever tevreden is over de geleverde kwaliteit door en de
samenwerking met de inschrijver. Hiertoe dient een
tevredenheidsverklaring van de in de referentieverklaring genoemde
contactpersoon aan de referentieverklaring te worden toegevoegd. Indien
één (1) opdrachtgever kan worden aangeduid als referentie voor beide
kerncompetenties, kan daarmee worden volstaan. Anders dienen twee (2)
opdrachtgevers te worden opgegeven.
Kwaliteitssysteem:
Een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan de
eisen en voorwaarden die verbonden zijn aan het certificaat BRL
boomverzorging van Stichting Groenkeur, en dat periodiek door een
geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
Veiligheid:
Een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem zoals bijvoorbeeld VCA**,
dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook
toeziet op die van de onderaannemers, en dat periodiek door een
geaccrediteerde instelling wordt getoetst.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast
personeel
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling
of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Bizob-2015-JG-LB-018
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende
stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen
22.2.2017 - 09:58
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving
gestand moet doen
Periode in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de
inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Plaats:
Gemeentehuis Laarbeek.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te
bereiken is via [9]www.negometrix.com Na kosteloze registratie op
Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze
aanbesteding.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörig e Erzeugnisse - UK-Kenilworth
Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse
Getreide und Kartoffeln/Erdäpfel
Getreide
Dokument Nr...: 6873-2016 (ID: 2016010909093444346)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
UK-Kenilworth: Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörig
e Erzeugnisse
2016/S 6/2016 6873
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Agriculture and Horticulture Development Board
Stoneleigh Park
Zu Händen von: Julia Burger
CV8 2TL Kenilworth
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 2476692051
E-Mail: [4]julia.burger@ahdb.org.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ahdb.org.uk/
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
03000000, 03100000, 03210000, 03211000
Beschreibung
Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung
sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse.
Landwirtschafts- und Gartenbauerzeugnisse.
Getreide und Kartoffeln/Erdäpfel.
Getreide.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
19.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:julia.burger@ahdb.org.uk?subject=TED
5. http://www.ahdb.org.uk/
OT: 09/01/2016 S6 - - Services - Contract notice - Open procedure
United Kingdom-Kenilworth: Agricultural, farming, fishing, forestry and
related products
2016/S 006-006873
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Agriculture and Horticulture Development Board
Stoneleigh Park
For the attention of: Julia Burger
CV8 2TL Kenilworth
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 2476692051
E-mail: [6]julia.burger@ahdb.org.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
[7]http://www.ahdb.org.uk/
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Health
Other: agriculture and horticulture
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
For the Conduct of Crop Variety Trials for AHDB's Recommended List
Project.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Various locations across the UK, results delivered to AHDB,
Warwickshire.
NUTS code UK,UKG13
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
The Agriculture and Horticulture Development Board, operating through
its Cereals and Oilseeds division is offering for tender a number of
cereal and oilseed rape variety trials, disease and quality tests to
enable the development of the AHDB Recommended Lists. The Recommended
List system identifies and recommends appropriate cereal and
oilseed-rape varieties for different market sectors of the industry and
ensures that these recommendations are publicised. It operates
impartially and seeks the involvement of all significant sectors of the
industry in making its recommendations in the interests of the industry
as a whole.
The trials and tests in this tender are for some of those providing
data that underpins the AHDB Recommended Lists.
Tenders are invited from single operators or consortia for work to be
undertaken over a period of 5 years covering the harvesting seasons
2017-2021 depending on the trials.
Details of the trials including specifications (such as rotation,
sowing time, soil type and management) contract start dates and lengths
are provided as part of the tender documents.
Tenders are invited for any or all of the trials/tests described
therein.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
03000000, 03100000, 03210000, 03211000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
The Agriculture and Horticulture Development Board, operating through
its Cereals and Oilseeds division is offering for tender a number of
cereal and oilseed rape variety trials, disease and quality tests to
enable the development of the AHDB Recommended Lists. The Recommended
List system identifies and recommends appropriate cereal and
oilseed-rape varieties for different market sectors of the industry and
ensures that these recommendations are publicised. It operates
impartially and seeks the involvement of all significant sectors of the
industry in making its recommendations in the interests of the industry
as a whole.
The trials and tests in this tender are for some of those providing
data that underpins the AHDB Recommended Lists.
Tenders are invited from single operators or consortia for work to be
undertaken over a period of 5 years covering the harvesting seasons
2017-2021 depending on the trials.
Details of the trials including specifications (such as rotation,
sowing time, soil type and management) contract start dates and lengths
are provided as part of the tender documents.
Tenders are invited for any or all of the trials/tests described
therein.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 600 000 and 1 810 000 GBP
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.7.2016. Completion 31.8.2021
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
See Tender documents.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
See Tender documents.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Suppliers Instructions How to Express Interest in
this Tender: 1. Register your company on the eSourcing portal (this is
only required once) - Browse to the eSourcing Portal:
[8]https://defra.bravosolution.co.uk and click the link to register -
Accept the terms and conditions and click continue - Enter your
correct business and user details - Note the username you chose and
click Save when complete - You will shortly receive an email with
your unique password (please keep this secure) 2. Express an Interest
in the tender - Login to the portal with the username/password - Click
the PQQs / ITTs Open to All Suppliers link. (These are
Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any
registered supplier) - Click on the relevant PQQ/ ITT to access the
content. - Click the Express Interest button at the top of the page.
- This will move the PQQ /ITT into your My PQQs/ My ITTs page. (This
is a secure area reserved for your projects only) -You can now access
any attachments by clicking Buyer Attachments in the PQQ/ ITT
Details box 3. Responding to the tender - Click My Response under
PQQ/ ITT Details, you can choose to Create Response or to Decline
to Respond (please give a reason if declining) - You can now use the
Messages function to communicate with the buyer and seek any
clarification - Note the deadline for completion, then follow the
onscreen instructions to complete the PQQ/ ITT - There may be a mixture
of online and offline actions for you to perform (there is detailed
online help available) You must then submit your reply using the
Submit Response button at the top of the page. If you require any
further assistance please consult the online help, or contact the
eTendering help desk.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
2015-066
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 19.2.2016 - 12:00
Place: Agriculture & Horticulture Development Board
For the attention of: Julia Burger
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure:
Procurement Officers.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: January 2021.
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
The Contracting Authority intends to use an e-Tendering system in this
procurement exercise and reserves the right to use a reverse auction.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: AHDB will
incorporate a standstill period at the point of information on the
award contract is communicated to tenderers. The notification will
provide full information on the award decision. The standstill period,
which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for
unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the
contract is entered into. The public contracts regulations 2015
(Sl12015) provide the aggrieved parties who have been harmed or at risk
by a breach of the rules take no action in the high court (England,
Wales and Northern Ireland).
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Abholung von Siedlungsabfällen - FR-Drevant
Abholung von Siedlungsabfällen
Einsammeln von Hausmüll
Dokument Nr...: 6973-2016 (ID: 2016010909103144450)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
FR-Drevant: Abholung von Siedlungsabfällen
2016/S 6/2016 6973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Smirtom du Saint-Amandois
ZA Gérard Morel
18200 Drevant
FRANKREICH
Telefon: +33 248606689
E-Mail: [4]smirtom.stamandois@wanadoo.fr
Fax: +33 248965943
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]https://www.smirtom-stamandois.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.achat-national.com
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90511000, 90511200
Beschreibung
Abholung von Siedlungsabfällen.
Einsammeln von Hausmüll.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 2015 /06
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Brangeon Environnement
7 route de Montjean
49620 La Pommeraye
FRANKREICH
E-Mail: [7]contact@brangeon.fr
Telefon: +33 241721155
Fax: +33 241778746
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 280 100 EUR
ohne MwSt
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Jahre: 8
References
4. mailto:smirtom.stamandois@wanadoo.fr?subject=TED
5. https://www.smirtom-stamandois.fr/
6. https://www.achat-national.com/
7. mailto:contact@brangeon.fr?subject=TED
OT: 09/01/2016 S6 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Drevant: Services de collecte des ordures
2016/S 006-006973
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Smirtom du Saint-Amandois
ZA Gérard Morel
18200 Drevant
FRANCE
Téléphone: +33 248606689
E-mail: [6]smirtom.stamandois@wanadoo.fr
Fax: +33 248965943
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]https://www.smirtom-stamandois.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]https://www.achat-national.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3)Activité principale
Environnement
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Collecte traditionnelle ou robotisée des déchets ménagers et assimilés.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 16: Services de voirie et d'enlèvement des
ordures: services d'assainissement et services analogues
Code NUTS FR241
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Collecte traditionnelle ou robotisée des déchets ménagers et assimilés.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90511000, 90511200
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
2015/06
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [9]2015/S 182-330361 du 19.9.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015 /06 Intitulé: Collecte traditionnelle ou robotisée des
déchets ménagers et assimilés
V.1)Date d'attribution du marché:
31.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Brangeon Environnement
7 route de Montjean
49620 La Pommeraye
FRANCE
E-mail: [10]contact@brangeon.fr
Téléphone: +33 241721155
Fax: +33 241778746
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 2 280 100 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre dannées: 8
V.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible dêtre sous-traité: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Le montant de 2 280 100 EUR HT est annuel. La durée du marché est de 8
ans.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-141509, mise en ligne le 16.9.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans
E-mail: [11]greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone: +33 238775900
Fax: +33 238538516
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans
E-mail: [12]greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone: +33 238775900
Fax: +33 238538516
VI.4)Date denvoi du présent avis:
6.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reinigungsdienste - PL-Oleszno
Reinigungsdienste
Dokument Nr...: 7073-2016 (ID: 2016010909113544549)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
PL-Oleszno: Reinigungsdienste
2016/S 6/2016 7073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
ul. Gówna 1
Zu Händen von: Katarzyna Trbas
78-513 Oleszno
POLEN
Telefon: +48 261474572
E-Mail: [4]16wog.zam.pub@wp.mil.pl
Fax: +48 261474571
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://16wog.wp.mil.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90910000
Beschreibung
Reinigungsdienste.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: I Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd
ul. B. Chrobrego 14
68-100 aga
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 61 121,20 PLN
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 2
Auftrags-Nr: II Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. lna 11B
53-111 Wrocaw
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 83 290,36 PLN
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 2
References
4. mailto:16wog.zam.pub@wp.mil.pl?subject=TED
5. http://16wog.wp.mil.pl/
OT: 09/01/2016 S6 - - Usugi - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Polska-Oleszno: Usugi sprztania
2016/S 006-007073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Usugi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
ul. Gówna 1
Osoba do kontaktów: Katarzyna Trbas
78-513 Oleszno
POLSKA
Tel.: +48 261474572
E-mail: [6]16wog.zam.pub@wp.mil.pl
Faks: +48 261474571
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]http://16wog.wp.mil.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: MON Jednostka Wojskowa
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usuga polegajca na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych pooonych w rejonie
odpowiedzialnoci 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
Pomorskie cz I GZ Mirosawiec i cz II Wacz.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Usugi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usuga polegajca na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych pooonych w rejonie
odpowiedzialnoci 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
Pomorskie cz I GZ Mirosawiec.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
90910000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Ze wzgldu na wystpienie pilnej koniecznoci spowodowanej
wydarzeniami, których instytucja zamawiajca nie moga przewidzie oraz
zgodnie z warunkami cile okrelonymi w dyrektywie.
Decyzja nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2011 r.
dotyczca wprowadzenia do uytku subowego ,,Wytycznych w sprawie
podziau waciwoci organów infrastruktury i uytkowników w zakresie
finansowania i realizacji zada zwizanych z utrzymaniem czystoci
obiektów, utrzymania terenów zieleni zlokalizowanych na terenie
kompleksów wojskowych oraz chodników zewntrznych, pooonych
bezporednio przy granicy tych kompleksów. W celu zapewnienia
cigoci i usprawnienia realizacji wykonywanej usugi sprztania
pomieszcze wewntrznych budynków w Jednostkach, Instytucjach i
obiektach wojskowych zlokalizowanych na terenie dziaania 16 Wojskowego
Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie oraz majc na uwadze
specyfikacj obsugiwanych Jednostek zachodzi konieczno przystpienia
do zamówienia z wolnej rki. W dniu 22.10.2015 ukazao si ogoszenie
dotyczce zamówienia na usug sprztania pomieszcze wewntrznych
budynków. Otwarcie ofert na w/w usug odbyo si 4.12.2015 r. W dniu
8.12.2015 r. Zamawiajcy zwróci si do Wykonawców z wezwaniem do
przedstawienia wyjanie, majcych wpyw na wysoko ceny, odpowiedzi
Wykonawcy mieli udzieli do 11.12.2015 r. Zamawiajcy powzi decyzje o
wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 15.12.2015, o której
powiadomiono kadego z potencjalnych Wykonawców odrbnym pismem. W dniu
28.12.2015 r. do 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie
wpyno odwoanie od Firmy Impel Cleaning Sp. z o.o. na cz I
Mirosawiec i cz II Wacz znak postpowania 977/2015, w zwizku z
wyborem przez Zamawiajcego Firmy Biuro Handlowo Usugowe VIGOR Sp.
z o.o., której to Odwoujcy zarzuca brak konkretnych wyjanie
dotyczcych podejrzenia raco niskiej ceny. W zwizku z powyszym
zachodzi konieczno przystpienia do postpowania z wolnej rki na dwa
miesice tj. stycze i luty 2016 r. w celu wykonywania nieprzerwalnie
usugi polegajcej na sprztaniu pomieszcze wewntrznych budynków w
Jednostkach, Instytucjach i obiektach wojskowych zlokalizowanych na
terenie dziaania 16 Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko
Pomorskie GZ Mirosawiec i GZ Wacz.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najnisza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
1313/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o dobrowolnej przejrzystoci ex ante
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 253-463655 z dnia 31.12.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: I Cz nr: 1 - Nazwa: Usuga polegajca na sprztaniu
pomieszcze wewntrznych budynków w jednostkach, instytucjach i
obiektach wojskowych pooonych w rejonie odpowiedzialnoci 16
Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie cz I GZ
Mirosawiec
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd
ul. B. Chrobrego 14
68-100 aga
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 61 121,20 PLN
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: II Cz nr: 2 - Nazwa: Usuga polegajca na sprztaniu
pomieszcze wewntrznych budynków w jednostkach, instytucjach i
obiektach wojskowych pooonych w rejonie odpowiedzialnoci 16
Wojskowego Oddziau Gospodarczego Drawsko Pomorskie cz II GZ Wacz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. lna 11B
53-111 Wrocaw
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 83 290,36 PLN
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
VI.3.2)Skadanie odwoa
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung - FR-Saint-Étienne
Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
Dokument Nr...: 7173-2016 (ID: 2016010909123444659)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
FR-Saint-Étienne: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung
2016/S 6/2016 7173
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Saint-Étienne
21420218600018
Hôtel de Ville, BP 503
Zu Händen von: Le maire
42007 Saint-Étienne
FRANKREICH
Telefon: +33 477487807
E-Mail: [4]marchespublics@saint-etienne.fr
Fax: +33 477487811
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
[5]http://www.saint-etienne.fr/
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.saint-etienne.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60210000
Beschreibung
Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
sncf dea cera
40 B, rue de la Villette
69003 Lyon
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:marchespublics@saint-etienne.fr?subject=TED
5. http://www.saint-etienne.fr/
6. http://www.saint-etienne.fr/
OT: 09/01/2016 S6 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Négociée sans mise en concurrence
France-Saint-Étienne: Services de transport ferroviaire public
2016/S 006-007173
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Saint-Étienne
21420218600018
Hôtel de Ville, BP 503
À l'attention de: Le maire
42007 Saint-Étienne
FRANCE
Téléphone: +33 477487807
E-mail: [6]marchespublics@saint-etienne.fr
Fax: +33 477487811
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur:
[7]http://www.saint-etienne.fr/
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.saint-etienne.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 18: Services de transports ferroviaires
Code NUTS FR715
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Acquisition de titres de transport train pour les déplacements
professionnels des agents municipaux, des élus et des invités de la
Ville de Saint-Etienne, par le biais du portail entreprise SNCF et du
compte logé American Express.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
60210000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Négociée sans publication préalable dun avis de marché
Justification de lattribution du marché sans publication préalable
dun avis de marché au Journal officiel de lUnion européenne (JOUE):
Directive 2004/18/CE
1) Justification du choix de la procédure négociée sans publication
préalable dun avis de marché au JOUE conformément à l'article 31 de la
directive 2004/18/CE
Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un
soumissionnaire déterminé pour des raisons:
liées à la protection de droits dexclusivité
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
Section V: Attribution du marché
Intitulé: Marché no: 2015-443
V.1)Date d'attribution du marché:
15.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
sncf dea cera
40 B, rue de la Villette
69003 Lyon
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Retrouvez cet avis intégral sur [9]http://www.saint-etienne.fr
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7 janvier 2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin Cedex 03
69433 Lyon
E-mail: [10]greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone: +33 478141010
Adresse internet: [11]http://lyon.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 478141065
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin Cedex 03
69433 Lyon
E-mail: [12]greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone: +33 478141010
Fax: +33 478141065
VI.4)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten - PL-Konstancin-Jeziorna
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellie
Dokument Nr...: 7273-2016 (ID: 2016010909131444756)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
PL-Konstancin-Jeziorna: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze
und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
2016/S 6/2016 7273
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Zu Händen von: Tomasz Bujalski, Lidia Bedyska
05-520 Konstancin-Jeziorna
POLEN
Telefon: +48 222421589 / 222422035
E-Mail: tomasz.bujalski@pse.pl, lidia.bedynska@pse.pl
Fax: +48 222422169
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45230000
Beschreibung
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für
Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 62 656 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
References
OT: 09/01/2016 S6 - - Roboty budowlane - Ogoszenie o udzieleniu
zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Konstancin-Jeziorna: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurocigów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
2016/S 006-007273
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiajcy
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Osoba do kontaktów: Tomasz Bujalski, Lidia Bedyska
05-520 Konstancin-Jeziorna
POLSKA
Tel.: +48 222421589 / 222422035
E-mail: tomasz.bujalski@pse.pl, lidia.bedynska@pse.pl
Faks: +48 222422169
I.2)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiajcych
Podmiot zamawiajcy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa stacji 220/110 kV Pia Krzewina o rozdzielni 400 kV Etap
I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Polska.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia Wykonawca powinien zrealizowa metoda
kompleksow co najmniej
w nastpujcym zakresie:
1. Opracowanie wszelkich niezbdnych dokumentów i projektów, uzyskanie
w imieniu Zamawiajcego wszelkich decyzji i pozwole wymaganych do
uzyskania pozwolenia na budow dla docelowego ukadu rozdzielni 400 kV
oraz wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod budow rozdzielni 400
kV, w tym zakup
w swoim imieniu a nastpnie zbycie na rzecz Zamawiajcego gruntu pod
budow rozdzielni i uzyskanie suebnoci przesyu bez ogranicze
czasowych dla wprowadze liniowych.
3. Przeprowadzenie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze dla
wybudowania rozdzielni i wprowadze liniowych.
4. Realizacja programu komunikacji spoecznej wedug wytycznych
Zamawiajcego.
5. Wykonanie projektu budowlanego dla docelowego ukadu rozdzielni 400
kV (tj. etapów I, II, III, IV i V) i projektu wykonawczego dla
przedmiotu zamówienia (tj. etapu I) oraz uzyskanie pozytywnej opinii
Zamawiajcego. Projekty naley zrealizowa wedug przepisów ustawy
Prawo Budowlane i przepisów zwizanych, aktualnych w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Przeprowadzenie uzgodnie formalno-prawnych, wykonanie wymaganych
dokumentów
i opracowa w zakresie niezbdnym do wykonania i uytkowania
inwestycji, uzyskanie prawomocnych i ostatecznych decyzji, w tym
opracowa oraz decyzji rodowiskowych i decyzji o pozwoleniu na budow,
opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego na odprowadzanie cieków deszczowych, obejmujcego
nowobudowan rozdzielni oraz istniejcy teren stacji.
7. Wykonanie nastpujcych prac:
a) wybudowanie rozdzielni 400 kV zgodnie z opisem zawartym w Czci II
SIWZ, wraz z dostaw wszystkich niezbdnych urzdze i materiaów,
b) wykonanie wprowadze istniejcej linii 220 kV z kierunku SE Plewiska
i tymczasowego poczenia istniejcej rozdzielni 220 kV z nowobudowan
rozdzielni
400 kV,
c) przebudowanie na terenie nowobudowanej rozdzielni 400 kV istniejcej
linii napowietrznej
110 kV Chodzie na lini kablowa 110 kV i linii napowietrznej 15 kV
zasilajcej potrzeby wasne na lini kablow,
d) budow potrzeb wasnych zasilanych rezerwowo z linii 15 kV,
e) wybudowanie budynku technologicznego i budynków potrzeb wasnych,
f) wykonanie niezbdnej Infrastruktury,
g) wykonanie niezbdnych prac w orodkach sterowania (KDM i ODM) i
nadzoru (CN i RCN),
h) przeprowadzenie sprawdze pomontaowych i testów funkcjonalnych,
odbiorów
i uruchomie.
8. Wykonawca rozbudowy SE Pia Krzewina o rozdzielni 400 kV
zobowizany jest do udziau
w uruchomieniach linii 400 kV Bydgoszcz Zachód Pia Krzewina w
terminach podanych
w umowie dla realizacji budowy linii 2x400 kV Bydgoszcz Zachód Pia
Krzewina.
9. Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji w zakresie realizacji
zadania przedmiotu zamówienia.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej rozdzielni i obiektów
zwizanych.
11. Zgoszenie i zawiadomienie odpowiednich organów o zakoczeniu
inwestycji i uzyskanie
w imieniu Zamawiajcego wszelkich decyzji umoliwiajcych rozpoczcie i
prowadzenie eksploatacji rozdzielni 400 kV w tym uzyskanie zgody na
uytkowanie.
12. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z 2 lipca 2010 (
DZ.U.2010 nr 130
poz. 879) opracowanie dokumentacji zgoszeniowej w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgoszenia, z uwzgldnieniem
wymaga dotyczcych zgoszenia instalacji wytwarzajcych pole
elektromagnetyczne oraz wykonanie stosownego zgoszenia.
13. Wykonawca jest zobowizany do wprowadzenia zasad racjonalnej
gospodarki odpadami zgodnie z gównym aktem prawnym regulujcym problem
gospodarki odpadami Ustaw z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8
stycznia 2013 r. nr 0 poz. 21) w zwizku z koniecznoci
unieszkodliwienia materiaów i odpadów powstaych w trakcie
prowadzonych prac.
W rozumieniu ww. ustawy Wykonawca stanie si wytwórc odpadów.
Rozbudowa rozdzielni 400 kV w SE 220/110 kV Pia Krzewina odbywa si
bdzie w 5 etapach
(etap I, II, III, IV i V) w sposób zsynchronizowany czasowo z budow
nowych linii 400 kV oraz stacji 400 kV w rejonie pónocno-centralnej
czci kraju przewidzianych w Planie Rozwoju na lata 20102025. Kady
etap bdzie stanowi odrbne zadanie inwestycyjne. W ramach niniejszego
przedmiotu zamówienia zostanie wykonany etap I budowy rozdzielni 400
kV. Wykonawca jest zobowizany wykona projekt wykonawczy dla etapu I
oraz projekt budowlany dla caoci budowy rozdzielni
400 kV (tj. dla etapu I, II, III, IV i V).
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
45230000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 62 656 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana bdzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajcy:
BP/33/2015/TB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [6]2015/S 077-136880 z dnia 21.4.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: tak
Poda odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zadanie inwestycyjne stanowi element Projektu, który przewidziany jest
do wspófinansowania ze rodków
pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko 2014-2020.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Krajowa Izba Odwoawcza
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z art.
182 ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Departament Urzdu Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauleistungen im Hochbau - DE-Darmstadt
Bauleistungen im Hochbau
Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
Labormöbel
Verpflegungseinrichtungen
Abbrucharbeiten
Rohbauarbeiten
Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten
Gerüstarbeiten
Estricharbeiten
Metallbauarbeiten
Wärmedämmarbeiten
Gipskartonarbeiten
Installateurarbeiten
Putzarbeiten
Bautischlerarbeiten
Einbau von Fenstern
Rollladenarbeiten
Boden- und Fliesenarbeiten
Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
Anstricharbeiten
Fassadenarbeiten
Sanierungsarbeiten
Installation von labortechnischen Anlagen
Dokument Nr...: 73-2016 (ID: 2016010209261037365)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
DE-Darmstadt: Bauleistungen im Hochbau
2016/S 1/2016 73
Vorinformation
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für
den Eigenbetrieb Gebäude- und Umweltmanagement
Jägertorstraße 207, Darmstadt/Kranichstein
Kontaktstelle(n): Zentrale Auftragsvergabestelle
Zu Händen von: Frau Petker
64289 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61518812490
E-Mail: [5]zavs@ladadi.de
Fax: +49 61512484
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]http://www.ladadi.de
Adresse des Beschafferprofils: [7]www.subreport-elvis.de
Weitere Auskünfte erteilen: Zentrale Auftragsvergabestelle des
Landkreises Darmstadt-Dieburg
Jägertorstraße 207, Darmstadt/Kranichstein
Kontaktstelle(n): Zentrale Auftragsvergabestelle
Zu Händen von: Frau Petker
64289 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 61518812490
E-Mail: [8]zavs@ladadi.de
Fax: +49 61512484
Internet-Adresse: [9]http://www.ladadi.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II.A: Auftragsgegenstand (Bauauftrag)
II.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Grundhafte Sanierung Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt.
II.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung
Hauptausführungsort: Albrecht-Dürer-Schule, Klein-Gerauer Weg 23-25,
64331 Weiterstadt.
DE716
II.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
nein
II.4)Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
Hochbau-Leistungen:
Das Gebäude der Albrecht-Dürer-Schule wird grundsaniert und erweitert.
Die Planung sieht eine Erweiterung der Schule durch eine Aufstockung in
Teilbereichen und eingeschossige Anbauten vor. Das in
Stahlbetonskelettbauweise errichtete Bestandsgebäude wird entkernt und
durch Stahlbetonkonstruktionen ertüchtigt und ergänzt. Das Gebäude ist
nicht unterkellert. Alle Gebäudeteile haben Flachdächer mit
Gefälledämmung (ca. 5 900 m²). Der komplette Innenausbau (Putzarbeiten
ca. 5 000 m², Estricharbeiten 6 200 m², Trockenbauarbeiten Wände 3 000
m² u. 5 000 m² Decken, Malerarbeiten Wände 5 000 m² u. Decken 6 800
m²), außer den vorhandenen Treppenräumen, wird neu errichtet. In die
WDVS-Fassade (ca. 3 600 m²) sind Fensterbänder bestehend aus
Einzelenfenstern (ca. 800 Stk.) und Pfosten-Riegel-Fassadenelementen
(ca. 45 Stk.) jeweils inkl. Sonnenschutz, integriert.
TGA-Leistungen:
1_Heizung: Aufbau einer neuen Zweirohrheizungsanlage beginnend mit dem
Verteiler mit 8 Heizkreisen als Unterstation sowie ca. 1 800 m
Schwarzrohr inklusive Dämmung.
2_Lüftung: Aufbau einer neuen Raumluftechnischen Anlage mit 3
Lüftungsgeräten (16 000, 14 000 und 7 500 m²/h) sowie ca. 40
Brandschutzklappen und ca. 4 000 m² Kanal sowie ca. 200 m
Wickelfalzrohr.
3_Sanitär: Aufbau eines neuen Trinkwasserversorgungs- sowie
Entsorgugnsnetz für Schmutzwasser und Regenwasser mit ca. 800 m
PVC-Rohr, ca. 550 m SML-Rohr, ca. 1 500 m Edelstahlrohr inklusive
Dämmungen und ca. 75 Sanitärobjekten.
4_Elektro: Aufbau einer Niederspannungshauptverteilung mit 15
abgehenden Unterverteilungen, Niederspannungsinstallationen in den
Verlegearten A, B, C und D, Installationsgeräte zum Teil in KNX Bus
Ausführung mit 1 100 Leuchten in LED Ausführung, Erneuerung des
Blitzschutzes und Anpassungsarbeiten der Erdung, Einbau einer
Brandmeldeanlage incl. Alarmierungseinheiten, Aufbau eines
strukturierten Datennetzes mit Lichtwellen- und Kufperleitungen (CAT7)
sowie 380 Datenports.
Leistungen Einrichtung/Ausstattung Fachräume/Mensaküche:
1_Einrichtung und Ausstattung von neun naturwissenschaftlichen
Fachunterrichtsräumen, einem Selbstlernzentrum und drei
Vorbereitungsräumen.
2_Abluftanlage des naturwissenschaftlichen Bereichs (Schadstoffabluft).
3_Einrichtung und Ausstattung der Mensaküche.
Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich nur um eine Vorinformation.
Unsere Vergabeunterlagen sind ausschließlich und nach einer einmaligen
Registrierung über unsere Vergabeplattform [10]www.subreport-elvis.de
erhältlich. Eine schriftliche Anforderung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage
[11]www.ladadi.de/ausschreibungen
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45210000, 31000000, 39180000, 39310000, 45111100, 45223220, 45261410,
45262100, 45262320, 45262670, 45321000, 45324000, 45330000, 45410000,
45421000, 45421132, 45421145, 45431000, 45432100, 45442100, 45443000,
45453100, 51430000
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren und Vertragslaufzeit
II.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.8)Zusätzliche Angaben:
Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren: Hochbau: 01/2016;
TGA 1/Heizung: 04/2016; TGA 2/Lüftung: 04/2016; TGA 3/Sanitär: 04/2016;
TGA 4/Elektro: 04/2016;
NW-Einrichtung 1: 08/2016; NW-Einrichtung 2: 08/2016; NW-Einrichtung 3:
09/2016.
Bei der Bekanntmachung handelt es sich um eine Vorinformation.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Hier gilt § 16 VOB/B in Verbindung mit § 19 Hessisches Vergabe- und
Tariftreuegesetz.
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich nur um eine Vorinformation.
Unsere Vergabeunterlagen sind ausschließlich und nach einer einmaligen
Registrierung über unsere Vergabeplattform [12]www.subreport-elvis.de
erhältlich. Eine schriftliche Anforderung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage
[13]www.ladadi.de/ausschreibungen
Nachr. HAD-Ref.: 2078/2041.
Nachr. V-Nr/AKZ: ADS Weiterstadt 2016.
VI.3)Angaben zum allgemeinen Rechtsrahmen
Einschlägige behördliche Internetseite(n), auf der Informationen
abgerufen werden können
Steuerrecht [14]http://www.hmdf.hessen.de
Hessisches Ministerium der Finanzen
Postfach: 3180
65021 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 611320
Fax: +49 611322471
Internet-Adresse: [15]http://www.hmdf.hessen.de
Umweltrecht [16]http://www.hmuelv.hessen.de/
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Mainzer Str. 80
65189 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6118150
Fax: +49 6118151941
Internet-Adresse: [17]http://www.hmuelv.hessen.de/
Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen [18]http://www.hsm.hessen.de
Hessisches Sozialministerium
Dostojewskistr. 4
65187 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 6118170
Fax: +49 611809399
Internet-Adresse: [19]http://www.hsm.hessen.de
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.12.2015
References
5. mailto:zavs@ladadi.de?subject=TED
6. http://www.ladadi.de/
7. http://www.subreport-elvis.de/
8. mailto:zavs@ladadi.de?subject=TED
9. http://www.ladadi.de/
10. http://www.subreport-elvis.de/
11. http://www.ladadi.de/ausschreibungen
12. http://www.subreport-elvis.de/
13. http://www.ladadi.de/ausschreibungen
14. http://www.hmdf.hessen.de/
15. http://www.hmdf.hessen.de/
16. http://www.hmuelv.hessen.de/
17. http://www.hmuelv.hessen.de/
18. http://www.hsm.hessen.de/
19. http://www.hsm.hessen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen - IT-Catania
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
Dokument Nr...: 7373-2016 (ID: 2016010909135644858)
Veröffentlicht: 09.01.2016
*
IT-Catania: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
2016/S 6/2016 7373
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
S.A.C. Società Aeroporto Catania SpA
Aeroporto Fontanarossa Catania
Kontaktstelle(n): Responsabile del Procedimento
Zu Händen von: geom. Antonio Luciano Ardiri
95121 Catania
ITALIEN
E-Mail: [4]l.ardiri@aeroporto.catania.it
Fax: +39 0957239228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]http://www.aeroporto.catania.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
77310000
Beschreibung
Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 739 326,15 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
References
4. mailto:l.ardiri@aeroporto.catania.it?subject=TED
5. http://www.aeroporto.catania.it/
OT: 09/01/2016 S6 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
aperta
Italia-Catania: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2016/S 006-007373
Avviso di aggiudicazione di appalti Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
S.A.C. Società Aeroporto Catania SpA
Aeroporto Fontanarossa Catania
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento
All'attenzione di: geom. Antonio Luciano Ardiri
95121 Catania
ITALIA
Posta elettronica: [6]l.ardiri@aeroporto.catania.it
Fax: +39 0957239228
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:
[7]http://www.aeroporto.catania.it
I.2)Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Appalto per l'affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria Aree a
Verde Landside e Airside.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Aeroporto Fontanarossa Catania.
Codice NUTS ITG17
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento per la durata di
anni 3 del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde
landside e airside dell'aeroporto Fontanarossa Catania e l'assistenza
full risk del relativo impianto d'irrigazione sia per la parte idrica
sia per la parte elettrica, come meglio specificato nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prescrizionale.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77310000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 739 326,15 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente
aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 156-287493 del 14.8.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia sezione staccata di Catania
Via Milano 42/B
95127 Catania
ITALIA
Posta elettronica: [9]tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0957530411
Indirizzo internet: [10]http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0957221318
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: UK-Scunthorpe: - UK-Scunthorpe
Softwarepaket und Informationssysteme
Dokument Nr...: 7473-2016 (ID: 2016011212465045092)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
UK-Scunthorpe:
2016/S 7/2016 7473
Vorinformation
Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
North Lincolnshire Borough Council
Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Kontaktstelle(n): Sharon Seddon
Telefon: +44 1724297922
E-Mail: [5]sharon.seddon@northlincs.gov.uk
NUTS-Code: UKE13
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [6]www.northlincs.gov.uk
Adresse des Beschafferprofils:
[7]http://www.northlincs.gov.uk/procurement
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Soft Market Testing for On-line Dinner Money Solutions.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
North Lincolnshire Council is undertaking a soft market testing
exercise to help it determine the best way to support its School
catering service and Schools with regard to online dinner money
payment. As part of this process it is interested in entering into
dialogue with market specialists from the industry to provide
information on what systems are available and what they are capable of.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKE13
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
North Lincolnshire Council operate a fully managed catering service
which currently provides a meals service to over 80 % of the schools
within North Lincolnshire. As part of continuous improvement, the
service is looking at the current online payments system in use and
realise that since award, the market has moved forward. As such, it is
vital that some information gathering takes place in order to secure
the optimum system for schools and the council.
The deadline for Request for Information responses is Friday 29.1.2016,
12:00.
Further information can be obtained from http://www.yortender.co.uk
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der
Auftragsbekanntmachung:
31/05/2016
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2016
References
5. mailto:sharon.seddon@northlincs.gov.uk?subject=TED
6. http://www.northlincs.gov.uk/
7. http://www.northlincs.gov.uk/procurement
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Prior Information Notice without
call for competition - Not applicable
United Kingdom-Scunthorpe: Software package and information systems
2016/S 007-007473
Prior information notice
This notice is for prior information only
Services
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)Name and addresses
North Lincolnshire Borough Council
Civic Centre, Ashby Road
Scunthorpe
DN16 1AB
UNITED KINGDOM
Contact person: Sharon Seddon
Telephone: +44 1724297922
E-mail: [5]sharon.seddon@northlincs.gov.uk
NUTS code: UKE13
Internet address(es):
Main address: [6]www.northlincs.gov.uk
Address of the buyer profile:
[7]http://www.northlincs.gov.uk/procurement
I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Soft Market Testing for On-line Dinner Money Solutions.
II.1.2)Main CPV code
48000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:
North Lincolnshire Council is undertaking a soft market testing
exercise to help it determine the best way to support its School
catering service and Schools with regard to online dinner money
payment. As part of this process it is interested in entering into
dialogue with market specialists from the industry to provide
information on what systems are available and what they are capable of.
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKE13
II.2.4)Description of the procurement:
North Lincolnshire Council operate a fully managed catering service
which currently provides a meals service to over 80 % of the schools
within North Lincolnshire. As part of continuous improvement, the
service is looking at the current online payments system in use and
realise that since award, the market has moved forward. As such, it is
vital that some information gathering takes place in order to secure
the optimum system for schools and the council.
The deadline for Request for Information responses is Friday 29.1.2016,
12:00.
Further information can be obtained from http://www.yortender.co.uk
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/05/2016
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information
VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Steinschüttungsarbeiten - FR-Lille
Steinschüttungsarbeiten
Dokument Nr...: 7573-2016 (ID: 2016011212473845196)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FR-Lille: Steinschüttungsarbeiten
2016/S 7/2016 7573
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Voies navigables de France
37 rue du Plat BP 725
Zu Händen von: M. le directeur territorial Nord-Pas-de-Calais de VNF
59034 Lille Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 320154970
E-Mail: [4]cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
Fax: +33 320154971
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils:
[5]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Weitere Auskünfte erteilen: Voies navigables de France direction
territoriale Nord Pas-de-Calais service maîtrise d'ouvrage
37 rue du Plat BP 725
Kontaktstelle(n): Cellule opérationnelle 2
Zu Händen von: M. Le Maguet Stéphane
59034 Lille Cedex
Telefon: +33 320171962
E-Mail: [6]smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
Fax: +33 320170431
Internet-Adresse:
[7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Voies navigables de France direction territoriale Nord
Pas-de-Calais
37 rue du Plat BP 725
Kontaktstelle(n): Pôle commande publique
59034 Lille Cedex
Telefon: +33 320154970
E-Mail: [8]cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
Fax: +33 320154971
Internet-Adresse:
[9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Voies navigables de
France direction territoriale Nord Pas-de-Calais
37 rue du Plat BP 725
Kontaktstelle(n): Pôle commande publique
59034 Lille Cedex
Telefon: +33 320154970
Fax: +33 320154971
Internet-Adresse:
[10]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45252125
Beschreibung
Steinschüttungsarbeiten.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
26.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr?subject=TED
5. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
6. mailto:smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr?subject=TED
7. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
8. mailto:cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr?subject=TED
9. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
10. https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
OT: 12/01/2016 S7 - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Lille: Travaux d'enrochement
2016/S 007-007573
Avis de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Voies navigables de France
37 rue du Plat BP 725
À l'attention de: M. le directeur territorial Nord-Pas-de-Calais de VNF
59034 Lille Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 320154970
E-mail: [6]cp.ajc-cp.sg.sn-nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
Fax: +33 320154971
Adresse(s) internet:
Adresse du profil dacheteur:
[7]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Voies navigables de France direction territoriale Nord
Pas-de-Calais service maîtrise d'ouvrage
37 rue du Plat BP 725
Point(s) de contact: Cellule opérationnelle 2
À l'attention de: M. Le Maguet Stéphane
59034 Lille Cedex
Téléphone: +33 320171962
E-mail: [8]smo.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
Fax: +33 320170431
Adresse internet:
[9]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvan
cedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Voies navigables de France direction territoriale Nord
Pas-de-Calais
37 rue du Plat BP 725
Point(s) de contact: Pôle commande publique
59034 Lille Cedex
Téléphone: +33 320154970
E-mail: [10]cp.ajc-cp.sg.dt-nord-pas-de-calais@vnf.fr
Fax: +33 320154971
Adresse internet:
[11]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Voies navigables de France direction territoriale Nord
Pas-de-Calais
37 rue du Plat BP 725
Point(s) de contact: Pôle commande publique
59034 Lille Cedex
Téléphone: +33 320154970
Fax: +33 320154971
Adresse internet:
[12]https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdva
ncedSearch&AllCons&refConsultation=281364&orgAcronyme=d4t
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: Gestion et développement de voies navigbales
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
(phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
23,221.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Communes de Férin (59), Goeulzin (62) et
Courchelettes (59).
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
(phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
23,221.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45252125
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Restauration des défenses de berge en aval de l'écluse de Goeulzin
(phase 2), rive gauche du canal de la Sensée, du PK 21,236 au PK
23,221.
les travaux consisteront principalement en:
la démolition du perré type Sensée existant (y/c pieux de fondation
et éventuelles rehausses en béton armé en partie supérieure du perré)
sur un linéaire de 1 985 m
la réalisation de défenses de berge en enrochements, depuis le pied
de talus du canal, suivant une pente à 2/1, sur un linéaire de 1 985 m,
le défrichement et l'aménagement (comprenant le terrassement et la
constitution des digues) du TD n° 85,
le stockage sur le TD 85 des terres excédentaires issues des
terrassements nécessaires à la pose des enrochements (prestation de
base).
l'évacuation en site classé « installation de stockage de déchets non
dangereux ISDND » (prestation supplémentaire éventuelle obligatoire)
des terres excédentaires issues des terrassements nécessaires à la pose
des enrochements.
la suppression du rideau de palplanches situé au niveau du siphon de
Noyelles du PK 22,567 au PK 22,703
la reconstitution d'un chemin de halage de largeur 3m50, sur un
linéaire de 1 985 m, en arrière de la défense de berge en enrochements.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: La présente consultation prévoit une
prestation supplémentaire éventuelle au sens de la circulaire du
26.9.2014 relative au «Guide de bonnes pratiques en matière de marchés
publics».
Au sens du droit communautaire, la présente consultation prévoit des
options: des avenants ou décision de poursuivre ainsi que des marchés
complémentaires pourront être conclus.
Conformément au 6°) du II de l'article 35 du code des marchés publics,
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à la
procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence
pour la réalisation de prestations similaires à celles confiées au
titulaire du présent marché passé après mise en concurrence, sous
réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus
tard trois ans à compter de la date de notification du présent marché.
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Origine du financement: VNF 66,7 %, RTE-T (programme 2014/2020) 33,3 %
* Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées
dans le cahier des charges;
* Les prix seront révisables;
* Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et
d'un solde;
* Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30
jours;
* Retenue de garantie de 5 % ;
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Nature de l'attributaire, chaque marché sera conclu:
soit avec un entrepreneur unique;
soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Par ailleurs, le mandataire du groupement ne peut présenter plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de
membre d'un ou de plusieurs groupements.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Il sera fait application de l'article 53
IV 1° du code des marchés publics.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Les documents et renseignements qui rendent recevables
les candidatures en application de l'article 44 du code des marchés
publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires
Dc1 et Dc2 téléchargeables sur le site [13]http://www.economie.gouv.fr
; La forme juridique du candidat; En cas de groupement, sa nature et le
nom du mandataire; Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager
le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les
habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de
la passation du marché.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels;
Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré
comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Le chiffre d'affaires
annuel, concernant des travaux similaires à l'objet du présent marché
pour les 3 dernières années, doit être supérieur à 3 000 000 EUR.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou
exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
B capacités professionnelles:
L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché
La preuve des capacités peut être apportée par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de maîtrise d'oeuvre
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat.
C capacités techniques:
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières
années;
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature;
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut
demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant
entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En
outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs
économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un
engagement écrit de ceux-ci.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
Expérience: chantiers similaires de mise en oeuvre d'enrochements
* capacités professionnelles: certificats FNTP ou équivalents (travaux
de défense de berge):
14 ouvrages en site maritime ou fluvial
1 432 enrochement.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Prix des prestations. Pondération 60
2. Valeur technique, appréciée au regard des sous-critères prévus au
règlement de la consultation. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
CP15-051
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Autres publications antérieures
Numéro de l'avis au JOUE: [14]2014/S 134-239785 du 11.7.2014
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
26.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 300 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Programme européen
multi-annuel RTET 2014-2020.
VI.3)Informations complémentaires
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que tous les documents de présentation associés;
* Unité monétaire utilisée, l'euro;
* Les offres sont limitées à « une seule variante » par candidat
* Une visite sur site, à caractère facultatif, peut être organisée à la
demande du candidat, dans les conditions définies au règlement de la
consultation
* À titre indicatif, les travaux commenceront courant 1er semestre 2016
pour une durée d'un an;
* Il ne s'agit pas d'un marché à caractère périodique;
* Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires;
* La présente consultation fait suite à la procédure d'appel d'offres
ouvert, déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, par décision
du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 15.4.2015. Référence
de la précédente publication: BOAMP: avis n° 14-108274 publié le
17.7.2014 BOAMP n° 135a, annonce n° 243 JOUE: 2014/s 134-239785
Références du programme: programme européen multi-annuel RTET
2014-2020.
* Conformément à l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution
du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique
obligatoire.
Modalités d'ouverture des offres
* Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Non
* L'ouverture des plis n'est pas publique.
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents
complémentaires:
* Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le
choix du mode de transmission de l'offre;
* Les documents de la consultation sont disponibles par voie
électronique sur la plate-forme de dématérialisation
([15]http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique
«Cp15-051 », après avoir installé les pré-requis techniques et avoir
pris connaissance du manuel d'utilisation.
Conditions de remise des candidatures et des offres:
* Les conditions de remise des candidatures et des offres sont précisés
dans le règlement de la consultation. Les offres transmises par échange
électronique sur la plate-forme de dématérialisation
([16]http://www.marches-publics.gouv.fr) le seront suivant les
modalités précisées dans le règlement de la consultation.
En cas de problème technique sur la plateforme des marchés de l'État,
veuillez contacter le numéro de téléphone suivant: 01.76.64.74.07 ou
[17]place.support@atexo.com
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée
59800 Lille
E-mail: [18]greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 320631300
Adresse internet: [19]http://lille.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 320631347
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée
59800 Lille
E-mail: [20]greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 320631300
Adresse internet: [21]http://lille.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 320631347
VI.5)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - DE-Berlin
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
Kauf von Grundstücken
Dokument Nr...: 7673-2016 (ID: 2016011212483845292)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
DE-Berlin: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
2016/S 7/2016 7673
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Diese Bekanntmachung fällt unter: Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
Kontaktstelle(n): Vergabestelle der HOWOGE
Zu Händen von: Herrn Mark Eichert
13055 Berlin
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 30-5464-2300
E-Mail: [6]mark.eichert@howoge.de
Fax: +49 30-5464-2301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers:
[7]www.howoge.de
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Landeseigenes Wohnungsunternehmen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
1.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber /
anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber beschafft im Auftrag
anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Grundstückskaufvertrag; Urkundenrolle Nr. G 2/2016 vom 8.1.2016 des
Notars Dr. Goecke in Berlin.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Planung und Ausführung
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Erwerb eines Grundstückes in Berlin-Treptow-Köpenick (Grundbuch von
Treptow) nebst Verpflichtung zur schlüsselfertigen Errichtung von ca.
128 Wohneinheiten und ca. 28 Stellplätzen.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45200000, 70122200
II.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung / eines Aufrufs zum Wettbewerb
Begrundung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der
Richtlinie 2004/18/EG
Sonstige Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige
Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Bei dem Beschaffungsvorgang handelt es sich um einen
Grundstückskaufvertrag mit zusätzlicher Verpflichtung des
Grundstücksverkäufers auf den erworbenen Grundstücken ca. 128
Wohneinheiten durch schlüsselfertige Neuerrichtung herzustellen. Bei
dem Gesamtvorgang handelt es sich um ein Immobilienbedarfsgeschäft, das
gemäß Art. 16 der EU-Richtlinie 2004/18/EG bzw. nach § 100 Abs. 5 Nr. 1
GWB vom Anwendungsbereich des Vergaberechtes ausgenommen ist. Die
Auftraggeberin veröffentlicht für derartige Geschäfte ein
Beschafferprofil unter:
[8]http://www.howoge.de/unternehmen/ankauf-von-immobilien.html
Stichwort Projektentwicklungen (Wohnbau).
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber/beim Auftraggeber
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
V.2)Angaben zu den Angeboten
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LABORGH Projekt 1. GmbH & Co. KG
Kronprinzendamm 15,
10711 Berlin
DEUTSCHLAND
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
10825 Berlin
DEUTSCHLAND
E-Mail: [9]poststelle@senwtf.berlin.de
Telefon: +49 3090130
Internet-Adresse:
[10]http://www.berlin.de/se/wirtschaft/Vergabe/kammer.html
Fax: +49 3090138455
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen 30
Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
References
6. mailto:mark.eichert@howoge.de?subject=TED
7. http://www.howoge.de/
8. http://www.howoge.de/unternehmen/ankauf-von-immobilien.html
9. mailto:poststelle@senwtf.berlin.de?subject=TED
10. http://www.berlin.de/se/wirtschaft/Vergabe/kammer.html
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen - IT-Matera
Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
Dokument Nr...: 773-2016 (ID: 2016010209323838069)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
IT-Matera: Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
2016/S 1/2016 773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Provincia di Matera
Via Domenico Ridola 60
Zu Händen von: Giuseppe Tristano
75100 Matera
ITALIEN
Telefon: +39 0835306254
E-Mail: [4]g.tristano@provincia.matera.it
Fax: +39 0835312173
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.provincia.matera.it
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71330000
Beschreibung
Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 775 190 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
SAIR GEIE Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica, d'Ingegneria
Forlì
ITALIEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 871 000 EUR
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 775 190 EUR
ohne MwSt
References
4. mailto:g.tristano@provincia.matera.it?subject=TED
5. http://www.provincia.matera.it/
OT: 02/01/2016 S1 - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
aperta
Italia-Matera: Vari servizi di ingegneria
2016/S 001-000773
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Matera
Via Domenico Ridola 60
All'attenzione di: Giuseppe Tristano
75100 Matera
ITALIA
Telefono: +39 0835306254
Posta elettronica: [6]g.tristano@provincia.matera.it
Fax: +39 0835312173
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
[7]www.provincia.matera.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva per la
realizzazione del «Sistema logistico intermodale integrato nell'area
retrostante il porto di Taranto-2013-IT-91021-S, finalizzato alla
realizzazione della Piattaforma Logistica di Ferrandina (MT)», CIG:
62788173B3.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti allarchitettura e
allingegneria, anche integrata; servizi attinenti allurbanistica e
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Comune di Ferrandina Area industriale
Valle del Basento Italia.
Codice NUTS ITF52
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva per la
realizzazione del «Sistema logistico intermodale integrato nell'area
retrostante il porto di Taranto-2013-IT-91021-S, finalizzato alla
realizzazione della Piattaforma Logistica di Ferrandina (MT)».
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71330000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 775 190 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Professionalità e capacità aziendale. Ponderazione 20
2. Sicurezza e cantierabilità dei lavori. Ponderazione 20
3. B. Soluzioni progettuali atte a garantire elevate caratteristiche
tecnico-prestazionali che garantiscano agli edifici la migliore classe
energetica. Ponderazione 20
4. Studio veicolare e della logistica. Ponderazione 15
5. Prezzo (ribasso sul prezzo). Ponderazione 15
6. Tempo (ribasso sul tempo). Ponderazione 10
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dallamministrazione
aggiudicatrice
CIG: 62788173B3
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: [8]2015/S 132-243408 del 11.7.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
5.11.2015
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11
V.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
SAIR GEIE Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica, d'Ingegneria
Forlì
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dellappalto:
Valore: 871 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dellappalto:
Valore: 775 190 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Programma europeo
Trans-European Transport Network (TEN-T).
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
Provincia di Matera Ufficio Appalti
Via D. Ridola 60
75100 Matera
ITALIA
Posta elettronica: [9]g.tristano@provincia.matera.it
Telefono: +39 0835306254
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
30.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Arzneimittel - DE-Erfurt
Arzneimittel
Dokument Nr...: 7773-2016 (ID: 2016011212501145405)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
DE-Erfurt: Arzneimittel
2016/S 7/2016 7773
AOK Plus Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, Stabsbereich
Recht, Referat Zentrale Vergabestelle, Augustinerstraße 38, Zu Händen
von: Herrn Rechtsanwalt Sören Rabe, Erfurt 99084, DEUTSCHLAND. E-Mail:
vergabestelle@plus.aok.de
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 12.11.2014, [1]2014/S
218-385128)
Betr.:
CPV:33600000
Arzneimittel
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Das Vergabeverfahren wurde eingestellt
Weitere zusätzliche Informationen
Aufgrund des Abschlusses einer exklusiven Rabattvereinbarung zu dem
Wirkstoff Moxifloxacin (EU-Bekanntmachung: ABI: [2]2015/S 233-423304
vom 2.12.2015) endet dieses open-house-Verfahren und damit alle in
diesem Verfahren geschlossenen Rabattvereinbarungen automatisch zum
31.3.2016.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385128-2014:TEXT:DE:HTML
2. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423304-2015:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Betankung von Flugzeugen - FR-Ota
Betankung von Flugzeugen
Straßentransport/-beförderung
Dokument Nr...: 7873-2016 (ID: 2016011212512045505)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FR-Ota: Betankung von Flugzeugen
2016/S 7/2016 7873
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville d'Ota
Mairie d'Ota
Zu Händen von: M. de Pianelli Pierre Paul
20150 Ota
FRANKREICH
Telefon: +33 495261005
E-Mail: [4]mairie.ota@wanadoo.fr
Fax: +33 495261412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.ota-porto.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.klekoon.com/
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[7]http://www.klekoon.com/
Weitere Auskünfte erteilen: Corse topographie et ingénierie
RN 193 espace Ceppe
20620 Biguglia
Telefon: +33 495338568
E-Mail: [8]cabinet.bernardini@orange.fr
Fax: +33 495336594
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
63733000, 60100000
Beschreibung
Betankung von Flugzeugen.
Straßentransport/-beförderung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
26.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. mailto:mairie.ota@wanadoo.fr?subject=TED
5. http://www.ota-porto.fr/
6. http://www.klekoon.com/
7. http://www.klekoon.com/
8. mailto:cabinet.bernardini@orange.fr?subject=TED
OT: 12/01/2016 S7 - - Fournitures - Avis de marché - Procédure
ouverte
France-Ota: Services d'avitaillement
2016/S 007-007873
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville d'Ota
Mairie d'Ota
À l'attention de: M. de Pianelli Pierre Paul
20150 Ota
FRANCE
Téléphone: +33 495261005
E-mail: [6]mairie.ota@wanadoo.fr
Fax: +33 495261412
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.ota-porto.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.klekoon.com/
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [9]http://www.klekoon.com/
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Corse topographie et ingénierie
RN 193 espace Ceppe
20620 Biguglia
Téléphone: +33 495338568
E-mail: [10]cabinet.bernardini@orange.fr
Fax: +33 495336594
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Marché à bons de commande pour la fourniture des carburants de Port de
plaisance de Porto (2016 2020).
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Marine de Porto, 20150 Ota.
Code NUTS
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur laccord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Fourniture de carburants maintenance des équipements de stockage et
de comptage.
Marché renouvelable 3 fois (durée totale max = 4 ans.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
63733000, 60100000
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Supercarburant Sp95: 100 000 à 230 000 L;
Supercarburant Sp95 détaxé: 380 000 à 650 000 L;
Gazole: 30 000 à 100 000 L;
Gazole détaxé: 380 000 à 504 000 L;
Total: 890 000 à 1 484 000 L.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Nombre de reconductions éventuelles: 3
dans le cas de marchés de fournitures ou de services susceptibles
d'être reconduits, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs:
en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 12 (à compter de la date dattribution du marché)
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Aucun.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Formulaires Dc1 et Dc2 dûment rempli.
Copie du ou des jugements si le candidat est en redressement
judiciaire.
Extrait du K-Bis.
Attestation d'assurance contre les risques professionnels.
III.2.2)Capacité économique et financière
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
26.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les
modalités d'ouverture: La Commission d'appel d'offre sera constituée
selon les dispositions des articles 22 et 23 du code des marchés
publics.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bastia
Villa Montepiano
20407 Bastia
E-mail: [11]greffe.ta-bastia@juradm.fr
Téléphone: +33 495328866
Adresse internet: [12]http://www.bastia.tribunal-administratif.fr/
Fax: +33 495323855
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker) - MT-Floriana
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker)
Dokument Nr...: 7973-2016 (ID: 2016011212524545579)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
MT-Floriana: Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker)
2016/S 7/2016 7973
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Department of Contracts
Notre Dame Ravelin
Floriana
FRN 1600
MALTA
Telefon: +356 21220212
E-Mail: [4]info.contracts@gov.mt
Fax: +356 21247681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.contracts.gov.mt
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://www.etenders.gov.mt/epps
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://www.etenders.gov.mt/epps
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://www.etenders.gov.mt/epps
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33622600
Beschreibung
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (Betablocker).
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 168 978,21 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Cherubino Ltd
Delf Building, Sliema Road
Gzira (Il-Gira)
GZR 1637
MALTA
E-Mail: [9]david@cherubino.com.mt
Telefon: +356 21343270
Fax: +356 21330916
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 168 978,21 EUR
References
4. mailto:info.contracts@gov.mt?subject=TED
5. http://www.contracts.gov.mt/
6. https://www.etenders.gov.mt/epps
7. https://www.etenders.gov.mt/epps
8. https://www.etenders.gov.mt/epps
9. mailto:david@cherubino.com.mt?subject=TED
OT: 12/01/2016 S7 - - Supplies - Contract award notice - Open
procedure
Malta-Floriana: Beta-blocking agents
2016/S 007-007973
Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Department of Contracts
Notre Dame Ravelin
Floriana
FRN 1600
MALTA
Telephone: +356 21220212
E-mail: [6]info.contracts@gov.mt
Fax: +356 21247681
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [7]www.contracts.gov.mt
Address of the buyer profile: [8]https://www.etenders.gov.mt/epps
Electronic access to information: [9]https://www.etenders.gov.mt/epps
Electronic submission of tenders and requests to participate:
[10]https://www.etenders.gov.mt/epps
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Tender for the Supply of Atenolol Preparations.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
NUTS code MT00
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Atenolol Preparations.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)
33622600
II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 168 978,21 EUR
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
CT2197/2014
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
Section V: Award of contract
Contract No: 1
V.1)Date of contract award decision:
30.7.2015
V.2)Information about offers
Number of offers received: 5
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the
contract award decision has been taken
Cherubino Ltd
Delf Building, Sliema Road
Gzira (Il-Gira)
GZR 1637
MALTA
E-mail: [11]david@cherubino.com.mt
Telephone: +356 21343270
Fax: +356 21330916
V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 168 978,21 EUR
V.5)Information about subcontracting
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Payment Options: No payment for documentation.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures
VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Orthopädische Prothesen - PL-Bydgoszcz
Orthopädische Prothesen
Knochenbruchvorrichtungen, Stifte und Platten
Orthopädische Implantate
Dokument Nr...: 8073-2016 (ID: 2016011212541045676)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
PL-Bydgoszcz: Orthopädische Prothesen
2016/S 7/2016 8073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki Zdrowotnej
ul. Powstaców Warszawy 5
Kontaktstelle(n): Sekcja Zamówie Publicznych
Zu Händen von: Barbara Baranowska
85-681 Bydgoszcz
POLEN
Telefon: +48 261417449
E-Mail: [4]bbaranowska@10wsk.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.10wsk.mil.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
33183200, 33141770, 33183100
Beschreibung
Orthopädische Prothesen.
Knochenbruchvorrichtungen, Stifte und Platten.
Orthopädische Implantate.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 7 763 328,79 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Implantcast Polska Sp. z o.o.
Postpu 21B
02-676 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 138 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 149 040 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 261 200 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 273 456 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 240 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 254 880 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 420 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 384 622,56 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 21 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 23 328 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 300 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 324 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
C2PL Implanty Sp. z o.o.
Sieradzka 10/3
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 572 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 617 760 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 173 200 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 191 376 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 263 856 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 284 316,48 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 234 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 242 676 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 171 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 184 680 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 12
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 35 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 37 800 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 13
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 54 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 58 320 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 14
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 108 744 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 117 443,52 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 15
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 137 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 148 500 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 16
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 205 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 232 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 17 Los-Nr: 17
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 103 450 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 111 726 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 18
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 106 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 114 480 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 19
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 61 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 65 880 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 20
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp.z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 20 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 21 600 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 21
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 18 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 19 440 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 22 Los-Nr: 22
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 17 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 18 900 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 23 Los-Nr: 23
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 230 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 246 240 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 24 Los-Nr: 24
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 331 200 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 357 696 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 25 Los-Nr: 25
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
C2PL Implanty Sp. z o.o.
Sieradzka 10/3
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 424 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 457 920 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 26 Los-Nr: 26
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 250 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 270 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 27 Los-Nr: 27
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 322 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 328 860 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 28 Los-Nr: 28
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 174 800 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 140 940 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 29 Los-Nr: 29
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 100 800 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 108 864 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 30 Los-Nr: 30
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 30 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 32 400 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 31 Los-Nr: 31
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 35 340 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 38 167,20 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 32 Los-Nr: 32
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 29 880 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 32 270,40 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 33 Los-Nr: 33
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 14 190 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 15 325,20 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 34 Los-Nr: 34
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 38 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 40 996,80 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 35 Los-Nr: 35
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 44 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 47 520 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 36 Los-Nr: 36
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 160 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 172 800 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 37 Los-Nr: 37
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 21 315 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 22 968,36 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 38 Los-Nr: 38
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 85 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 91 800 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 39 Los-Nr: 41
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 60 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 64 800 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 40 Los-Nr: 42
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 46 250 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 49 950 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 41 Los-Nr: 43
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 27 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 27 540 und höchstes Angebot 37 584 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 42 Los-Nr: 44
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 40 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 38 800 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 43 Los-Nr: 45
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 65 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 70 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 44 Los-Nr: 46
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 46 250 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 49 950 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 45 Los-Nr: 47
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 37 350 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 640 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 46 Los-Nr: 48
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 25 950 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 640 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 47 Los-Nr: 49
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 56 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 60 480 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 48 Los-Nr: 50
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 11 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 6 480 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 49 Los-Nr: 51
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 11 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 6 480 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 50 Los-Nr: 52
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 34 800 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 536 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 51 Los-Nr: 54
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 18 440 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 19 332 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 52 Los-Nr: 55
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
ChM Sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kocielny
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 36 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 42 120 und höchstes Angebot 45 900 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 53 Los-Nr: 56
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 48 400 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 51 408 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 54 Los-Nr: 57
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 250 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 55 Los-Nr: 58
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 46 250 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 37 530 und höchstes Angebot 44 280 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 56 Los-Nr: 59
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 50 400 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 54 432 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 57 Los-Nr: 60
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 84 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 16 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 58 Los-Nr: 61
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 252 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 24 300 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 59 Los-Nr: 62
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 6 372 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 60 Los-Nr: 65
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 800 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 050 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 61 Los-Nr: 66
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp.z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 95 300 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 102 330 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 62 Los-Nr: 67
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 57 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 61 560 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 63 Los-Nr: 68
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 21 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 27 993,60 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 64 Los-Nr: 69
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 15 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 16 740 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 65 Los-Nr: 70
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medok Olaf Korgel
Reymonta 7
48-250 Gogówek
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 900 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 2 268 und höchstes Angebot 3 132 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 66 Los-Nr: 71
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Arno Med Sp. z o.o.
Kolejowa 24
55-081 Mietków
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 400 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 747,36 und höchstes Angebot 1 512 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 67 Los-Nr: 72
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Biotech Sp. z o.o.
Rzeszów
35-105 Rzeszów
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 16 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 15 199,92 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 68 Los-Nr: 73
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 57 800 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 59 400 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 69 Los-Nr: 74
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 51 075 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 53 460 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 70 Los-Nr: 75
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 728 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 71 Los-Nr: 78
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 21 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 23 112 und höchstes Angebot 25 920 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 72 Los-Nr: 79
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 29 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 30 240 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 73 Los-Nr: 81
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 17 340 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 18 727,20 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 74 Los-Nr: 82
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 22 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 21 600 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 75 Los-Nr: 84
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 370 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 367,79 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 76 Los-Nr: 85
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 520 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 296 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 77 Los-Nr: 86
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 10 320 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 11 145,60 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 78 Los-Nr: 87
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 750 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 022 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 79 Los-Nr: 88
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 160 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 572,80 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 80 Los-Nr: 89
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 240 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 81 Los-Nr: 90
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 33 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 640 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 82 Los-Nr: 91
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 620 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 83 Los-Nr: 92
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 33 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 35 640 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 84 Los-Nr: 93
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Med&Care Tomasz Witkowski
Chwaszczyska 170
81-571 Gdynia
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 42 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 45 360 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 85 Los-Nr: 94
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
KOMAK Sp.z o.o.
Skibowa 39
61-306 Pozna
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 71 250 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 76 950 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 86 Los-Nr: 95
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Arno Med Sp. z o.o.
Kolejowa 24
55-081 Mietków
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 8 500 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 7 830 und höchstes Angebot 9 180 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 87 Los-Nr: 96
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 2 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 2 160 und höchstes Angebot 2 646 EUR
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 88 Los-Nr: 97
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 650 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 1 836 und höchstes Angebot 2 484 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 89 Los-Nr: 98
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 200 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 5 200 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 90 Los-Nr: 99
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 200 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 536 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 91 Los-Nr: 100
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 3 400 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 240 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 92 Los-Nr: 101
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 68 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Niedrigstes Angebot 57 240 und höchstes Angebot 72 576 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
Auftrags-Nr: 93 Los-Nr: 102
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Med&Care Tomasz Witkowski
Chwaszczyska 170
81-571 Gdynia
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 27 600 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 29 808 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 8
Bei jährlichem oder monatlichem Wert:
Anzahl der Monate: 24
References
4. mailto:bbaranowska@10wsk.mil.pl?subject=TED
5. http://www.10wsk.mil.pl/
OT: 12/01/2016 S7 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Procedura otwarta
Polska-Bydgoszcz: Protezy ortopedyczne
2016/S 007-008073
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki Zdrowotnej
ul. Powstaców Warszawy 5
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówie Publicznych
Osoba do kontaktów: Barbara Baranowska
85-681 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 261417449
E-mail: [6]bbaranowska@10wsk.mil.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.10wsk.mil.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Inna: samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawy sukcesywne endoprotez i materiaów potrzebnych przy zamaniach
dla Ortopedii na okres 24 miesicy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Siedziba Zamawiajcego.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Protezy powierzchniowe, krtarzowe, protezy cementowe, bezcementowe,
protezy bipolarne, rewizyjne, pytki do zespalania koci, pyty
dynamiczne, pyty LCP, pytki ktowo-stabilne, gwodzie ródszpikowe,
system pyt, implanty do osteotomii, cement, zestawy do mieszania
próniowego, mieszalniki do mieszania próniowego, system Pulse Lavage,
substytut koci, druty K, implanty do rekonstrukcji ACL, zestawy do
szycia kotek, kotwica do szycia obrbka, kaniule do artroskopii
barku, spacer stawu kolanowego i biodrowego, piny do regeneracji
chrzstki stawowej, ruby korowe, pyty szerokie, pyty wskie,
materia kociozastpczy z antybiotykiem..
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
33183200, 33141770, 33183100
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): nie
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 7 763 328,79 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgldnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Termin uzupenienia banku. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
sprawa 80/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
Ogoszenie o zamówieniu
Numer ogoszenia w Dz.U.: [8]2015/S 190-344015 z dnia 1.10.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Cz nr: 1 - Nazwa: Proteza powierzchniowa
cementowana stawu biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Implantcast Polska Sp. z o.o.
Postpu 21B
02-676 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 138 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 149 040 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Cz nr: 2 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 261 200 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 273 456 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Cz nr: 3 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 240 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 254 880 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Cz nr: 4 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 420 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 384 622,56 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Cz nr: 5 - Nazwa: Cement kostny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 21 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 23 328 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Cz nr: 6 - Nazwa: Proteza krtarzowa stawu
biodrowego typu short stem z du gow
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 300 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 324 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Cz nr: 7 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
C2PL Implanty Sp. z o.o.
Sieradzka 10/3
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 572 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 617 760 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Cz nr: 8 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 173 200 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 191 376 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Cz nr: 9 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 263 856 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 284 316,48 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Cz nr: 10 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 234 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 242 676 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Cz nr: 11 - Nazwa: Proteza bezcementowa stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 171 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 184 680 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Cz nr: 12 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 35 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 37 800 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Cz nr: 13 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 54 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 58 320 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Cz nr: 14 - Nazwa: Proteza cementowana stawu
biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 108 744 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 117 443,52 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Cz nr: 15 - Nazwa: Proteza bipolarna stawu
biodrowego bezcementowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 137 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 148 500 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Cz nr: 16 - Nazwa: Proteza biopolarna stawu
biodrowego cementowana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 205 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 232 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Cz nr: 17 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 103 450 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 111 726 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Cz nr: 18 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 106 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 114 480 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Cz nr: 19 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 61 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 65 880 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Cz nr: 20 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp.z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 20 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 21 600 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Cz nr: 21 - Nazwa: Proteza rewizyjna biodra
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 18 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 19 440 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Cz nr: 22 - Nazwa: Proteza jednoprzedziaowa
kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 17 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 18 900 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Cz nr: 23 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 230 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 246 240 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Cz nr: 24 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 331 200 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 357 696 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Cz nr: 25 - Nazwa: Proteza bezcementowa kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
C2PL Implanty Sp. z o.o.
Sieradzka 10/3
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 424 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 457 920 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Cz nr: 26 - Nazwa: Proteza cementowana kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 250 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 270 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 27 Cz nr: 27 - Nazwa: Proteza cementowana kolana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 322 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 328 860 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 28 Cz nr: 28 - Nazwa: Proteza rewizyjna kolana
cementowana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 174 800 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 140 940 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 29 Cz nr: 29 - Nazwa: Proteza rewizyjna kolana
cementowana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 100 800 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 108 864 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 30 Cz nr: 30 - Nazwa: Proteza okcia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 30 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 32 400 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 31 Cz nr: 31 - Nazwa: Endoproteza barku urazowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 35 340 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 38 167,20 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 32 Cz nr: 32 - Nazwa: Endoproteza barku cementowana
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 29 880 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 32 270,40 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 33 Cz nr: 33 - Nazwa: Proteza moduowa gowy koci
promieniowej bezcementowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 14 190 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 15 325,20 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 34 Cz nr: 34 - Nazwa: Endoproteza barku odwrócona
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 38 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 40 996,80 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 35 Cz nr: 35 - Nazwa: Proteza stawu skokowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 44 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 47 520 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 36 Cz nr: 36 - Nazwa: Protezy stawów MTP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 160 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 172 800 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 37 Cz nr: 37 - Nazwa: Proteza nadgarstka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 21 315 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 22 968,36 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 38 Cz nr: 38 - Nazwa: Pytki do zespalania nasady
bliszej koci ramiennej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 85 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 91 800 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 39 Cz nr: 41 - Nazwa: Pyty LCP nasada blisza
koci piszczelowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 60 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 64 800 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 40 Cz nr: 42 - Nazwa: Pyty-LCP nasada dalsza koci
piszczelowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 46 250 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 49 950 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 41 Cz nr: 43 - Nazwa: Pytki do zespole koci stopy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 27 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 27 540 i najwysza oferta 37 584 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 42 Cz nr: 44 - Nazwa: Pytki proste ktowo-stabilne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 40 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 38 800 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 43 Cz nr: 45 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
zespole koci strzakowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 65 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 70 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 44 Cz nr: 46 - Nazwa: Pyty LCP nasada dalsza koci
piszczelowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 46 250 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 49 950 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 45 Cz nr: 47 - Nazwa: Pytki ktowo stabilne do
zespole obojczyka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 37 350 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 35 640 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 46 Cz nr: 48 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
zespole nasady dalszej koci ramiennej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 25 950 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 35 640 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 47 Cz nr: 49 - Nazwa: Pytki ktowo-stabilne do
zespole nasady dalszej koci promieniowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 56 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 60 480 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 48 Cz nr: 50 - Nazwa: Pytki ktowo stabilne do
zespole koci rki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 11 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 6 480 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 49 Cz nr: 51 - Nazwa: Pytki ktowo stabilne do
zespole koci rki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 11 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 6 480 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 50 Cz nr: 52 - Nazwa: Pytki ktowo stabilne do
zespole koci rki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 34 800 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 536 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 51 Cz nr: 54 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
zespole zama koci ramiennej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 18 440 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 19 332 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 52 Cz nr: 55 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
zespole zama koci udowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
ChM Sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kocielny
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 36 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 42 120 i najwysza oferta 45 900 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 53 Cz nr: 56 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
zespole zama koci udowej Gamma
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 48 400 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 51 408 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 54 Cz nr: 57 - Nazwa: Gwód rekonstrukcyjny do
stabilizacji koci udowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 4 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 250 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 55 Cz nr: 58 - Nazwa: Gwodzie ródszpikowe do
zespole zama koci piszczelowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 46 250 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 37 530 i najwysza oferta 44 280 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 56 Cz nr: 59 - Nazwa: System pyt do zama
okooprotezowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 50 400 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 54 432 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 57 Cz nr: 60 - Nazwa: System kabli do zama
okooprotezowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 84 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 16 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 58 Cz nr: 61 - Nazwa: System kabli do zama
okooprotezowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 252 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 24 300 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 59 Cz nr: 62 - Nazwa: Elastyczne prty do zespole
koci dugich u dzieci
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 5 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 6 372 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 60 Cz nr: 65 - Nazwa: ruby kaniulowane
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 3 800 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 050 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 61 Cz nr: 66 - Nazwa: Implanty do osteotomii
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp.z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 95 300 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 102 330 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 62 Cz nr: 67 - Nazwa: Cement kostny, mieszalniki
próniowe do cementu oraz pukanie pulsacyjne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 57 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 61 560 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 63 Cz nr: 68 - Nazwa: Substytuty koci
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
LIT Sp. z o.o.
Jelenia 34
70-791 Szczecin
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 21 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 27 993,60 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 64 Cz nr: 69 - Nazwa: System do osteotomii koci
piszczelowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Ralf Medical Sp. z o.o.
Sieradzka 10/1
60-163 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 15 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 16 740 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 65 Cz nr: 70 - Nazwa: Druty K
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medok Olaf Korgel
Reymonta 7
48-250 Gogówek
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 900 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 2 268 i najwysza oferta 3 132 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 66 Cz nr: 71 - Nazwa: Cerclage plastyczny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Arno Med Sp. z o.o.
Kolejowa 24
55-081 Mietków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 400 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 747,36 i najwysza oferta 1 512 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 67 Cz nr: 72 - Nazwa: Zestaw do przygotowania
bogatopytkowych czynników wzrostu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Biotech Sp. z o.o.
Rzeszów
35-105 Rzeszów
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 16 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 15 199,92 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 68 Cz nr: 73 - Nazwa: Zestaw do pozyskania oraz
podania trombiny i PRP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 57 800 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 59 400 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 69 Cz nr: 74 - Nazwa: Implanty do rekonstrukcji ACL
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 51 075 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 53 460 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 70 Cz nr: 75 - Nazwa: Narzdzie di chirurgii
endoskopowej barku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 728 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 71 Cz nr: 78 - Nazwa: Zestaw do szycia kotek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 21 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 23 112 i najwysza oferta 25 920 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 72 Cz nr: 79 - Nazwa: Zestaw do szycia kotek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 29 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 30 240 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 73 Cz nr: 81 - Nazwa: Kotwica do szycia obrbka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 17 340 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 18 727,20 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 74 Cz nr: 82 - Nazwa: Kotwica do szycia obrbka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 22 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 21 600 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 75 Cz nr: 84 - Nazwa: Instrumentarium wielorazowe do
leczenia niestabilnoci barków
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 370 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 2 367,79 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 76 Cz nr: 85 - Nazwa: Kaniula do artroskopii barku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 520 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 296 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 77 Cz nr: 86 - Nazwa: Zestaw do plastyki stoka
rotatorów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 10 320 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 11 145,60 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 78 Cz nr: 87 - Nazwa: Zestaw do plastyki przyczepów
mini i wizade
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 4 750 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 5 022 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 79 Cz nr: 88 - Nazwa: Zestaw do plastyki przyczepów
mini i wizade
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 5 160 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 5 572,80 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 80 Cz nr: 89 - Nazwa: Spacer stawu kolanowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 3 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 240 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 81 Cz nr: 90 - Nazwa: Spacer stawu kolanowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 33 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 35 640 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 82 Cz nr: 91 - Nazwa: Spacer stawu biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Konsorcjum Biomet Polska Sp. z o.o. oraz Zimmer Polska Sp. z o.o.
Powiecka 75
04-501 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 620 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 83 Cz nr: 92 - Nazwa: Spacer stawu biodrowego
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Aesculap Chifa Sp.z o.o.
Tysiclecia 14
64-300 Nowy Tomyl
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 33 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 35 640 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 84 Cz nr: 93 - Nazwa: Piny do regeneracji chrzstki
stawowej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Med&Care Tomasz Witkowski
Chwaszczyska 170
81-571 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 42 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 45 360 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 85 Cz nr: 94 - Nazwa: System syntetycznych wizade
kolanowych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
KOMAK Sp.z o.o.
Skibowa 39
61-306 Pozna
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 71 250 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 76 950 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 86 Cz nr: 95 - Nazwa: ruby korowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Arno Med Sp. z o.o.
Kolejowa 24
55-081 Mietków
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 8 500 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 7 830 i najwysza oferta 9 180 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 87 Cz nr: 96 - Nazwa: ruby gbczaste
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 2 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 2 160 i najwysza oferta 2 646 EUR
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 88 Cz nr: 97 - Nazwa: ruby kostkowe
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 650 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 1 836 i najwysza oferta 2 484 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 89 Cz nr: 98 - Nazwa: Pyty wskie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp. z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 5 200 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 5 200 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 90 Cz nr: 99 - Nazwa: Pyty szerokie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 4 200 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 4 536 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 91 Cz nr: 100 - Nazwa: Pyty póokrge
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Medgal Sp.z o.o.
Wska 59
15-122 Biaystok
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 3 400 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 3 240 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 92 Cz nr: 101 - Nazwa: Aparat zewntrzny
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Stryker Polska Sp.z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 68 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Najnisza oferta 57 240 i najwysza oferta 72 576 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 93 Cz nr: 102 - Nazwa: Materia kociozastpczy z
antybiotykiem
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Med&Care Tomasz Witkowski
Chwaszczyska 170
81-571 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 27 600 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 29 808 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeeli jest to warto roczna lub miesiczna,:
liczb miesicy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [9]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [10]http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw
POLSKA
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Zgodnie z
dziaem VI ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Prezes Krajowej Izby Odwoawczej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [11]odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: [12]http://www.uzp.gov.pl/urzad/o-urzedzie/kontakt
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reinigungs- und Hygienedienste - SE-Tanumshede
Reinigungs- und Hygienedienste
Reinigungsdienste
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
Dokument Nr...: 8173-2016 (ID: 2016011212550445779)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
SE-Tanumshede: Reinigungs- und Hygienedienste
2016/S 7/2016 8173
Tanums kommun, 212000-1348, , Zu Händen von: Ingrid Karlsson,
Tanumshede 457 81, SCHWEDEN. Telefon: +46 52518147. Fax: +46 52518310.
E-Mail: ingrid.karlsson@tanum.se
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 15.12.2015, [1]2015/S
242-439702)
Betr.:
CPV:90900000, 90910000, 90911000, 90919000
Reinigungs- und Hygienedienste
Reinigungsdienste
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
Anstatt:
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling:
25.1.2016
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
25.1.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
24.4.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
26.1.2016
muss es heißen:
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling:
8.2.2016
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
8.2.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
8.5.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
9.2.2016
Weitere zusätzliche Informationen
Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439702-2015:TEXT:DE:HTML
2. http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
OT: 12/01/2016 S7 - - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet
förfarande
Sverige-Tanumshede: Städning och renhållning
2016/S 007-008173
Tanums kommun, 212000-1348, , Att: Ingrid Karlsson, Tanumshede 457 81,
SVERIGE. Telefon: +46 52518147. Fax: +46 52518310. E-post:
ingrid.karlsson@tanum.se
(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidnin, 15.12.2015,
[1]2015/S 242-439702)
Angående:
CPV:90900000, 90910000, 90911000, 90919000
Städning och renhållning
Städning
Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
I stället för:
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling:
25.1.2016
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
25.1.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
24.4.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
26.1.2016
Skall det stå:
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling:
8.2.2016
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:
8.2.2016
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud:
8.5.2016
IV.3.8) Anbudsöppning:
9.2.2016
Övriga ytterligare upplysningar
Visma Commerce-annons: [2]http://www.opic.com/notice.asp?req=dijcrnls
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe - UK-Banbury
Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe
Abholung von Siedlungsabfällen
Recycling von Siedlungsabfällen
Umweltmanagement
Dokument Nr...: 8273-2016 (ID: 2016011212562845878)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
UK-Banbury: Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe
2016/S 7/2016 8273
Vorinformation
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Waste and Resources Action Programme
Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street
Zu Händen von: Lucy Cooper
OX16 5BH Banbury
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1295817850
E-Mail: [3]lucy.cooper@wrap.org.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.wrap.org.uk
Adresse des Beschafferprofils: [5]www.wrap.org.uk/tenders
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II.B: Auftragsgegenstand (Lieferungen oder Dienstleistungen)
II.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
Beschreibung
Wiedergewonnene Sekundärrohstoffe .
Abholung von Siedlungsabfällen .
Recycling von Siedlungsabfällen .
Umweltmanagement .
II.6)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren
1.5.2016
References
3. mailto:lucy.cooper@wrap.org.uk?subject=TED
4. http://www.wrap.org.uk/
5. http://www.wrap.org.uk/tenders
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Prior Information Notice without
call for competition - Not applicable
United Kingdom-Banbury: Recovered secondary raw materials
2016/S 007-008273
Prior information notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Waste and Resources Action Programme
Second Floor, Blenheim Court, 19 George Street
For the attention of: Lucy Cooper
OX16 5BH Banbury
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1295817850
E-mail: [5]lucy.cooper@wrap.org.uk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: [6]www.wrap.org.uk
Address of the buyer profile: [7]www.wrap.org.uk/tenders
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Environment
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)
II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
WEEE Collection and Critical Raw Material Recovery Trials.
II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation
and similar services
NUTS code DE,UK,IT,TR
II.3)Information on framework agreement
II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or
services:
This work will deliver a series of trials of different and effective
ways to collect waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
recover critical raw materials from it. The recovery trials will also
include recovery of gold, silver and PGMs in WEEE.
The trials will be delivered in four countries: UK, Germany, Italy and
Turkey.
A maximum of ten trials is envisaged across the four countries. The
number of trials in each country and the value of each of the contracts
will depend on the tenders received. The total project budget for all
of the trials is indicated below.
It is expected that around 100 of WEEE will be collected in total
across all of the trials.
This project is being delivered through the EU Life 2014 programme.
Estimated cost excluding VAT: 662 500 EUR
Lots
This contract is divided into lots: yes
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
II.6)Scheduled date for start of award procedures
1.5.2016
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.8)Additional information:
It is intended that:
The estimated date of publication of the Contract Notice will be in
February 2016.
The work will be procured using a two-stage restricted procedure.
Each tenderer will need to demonstrate their ability and methodology
for undertaking a complete trial, which comprises both the collection
of WEEE and recovery of the critical raw materials. Tenderers are
permitted to submit consortium bids.
Contracts will be issued through 4 separate Lots. All Lots will
include identical services and deliverables, the distinction being the
country where the work will be carried out.
Tenderers can bid to be on 1 or more of the Lots and can be selected
to deliver on any number of the Lots for which they bid.
Multiple suppliers may be contracted to each Lot.
Contracts will run for a 24 month period.
An e-Tendering system will be used for procuring this work. Tenderers
will be required to register onto the Delta eSourcing suite
([8]www.delta-esourcing.com).
The Contracting Authority does not commit to awarding any work under
this project. All values expressed within this PIN and the Contract
Notice are maximum values and are not intended to represent a guarantee
of the level of work that may ultimately be awarded to any supplier.
Information about lots
Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
1 Lot title: Collection and recovery trials in the UK
1)Short description:
This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
material recovery in the United Kingdom.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
3)Quantity or scope:
A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
number of trials in each Lot/country and the values of each of the
contracts will depend on the tenders received. The total project budget
for all of the trials is fixed.
4)Indication about different date for start of award procedures and/or
duration of contract
Scheduled date for
start of works: 1.6.2016
completion of works: 1.6.2018
5)Additional information about lots:
Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
2 Lot title: Collection and recovery trials in Germany
1)Short description:
This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
material recovery in Germany.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
3)Quantity or scope:
A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
number of trials in each Lot/country and the values of each of the
contracts will depend on the tenders received. The total project budget
for all of the trials is fixed.
4)Indication about different date for start of award procedures and/or
duration of contract
Scheduled date for
start of works: 1.6.2016
completion of works: 1.6.2018
5)Additional information about lots:
Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
3 Lot title: Collection and recovery trials in Italy
1)Short description:
This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
material recovery in Italy.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
3)Quantity or scope:
A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
number of trials in each Lot/country and the values of each of the
contracts will depend on the tenders received. The total project budget
for all of the trials is fixed.
4)Indication about different date for start of award procedures and/or
duration of contract
Scheduled date for
start of works: 1.6.2016
completion of works: 1.6.2018
5)Additional information about lots:
Title attributed to the contract by the contracting authority: Lot No:
4 Lot title: Collection and recovery trials in Turkey
1)Short description:
This Lot will deliver trials of WEEE collection and critical raw
material recovery in Turkey.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
14900000 - KA03, 90511000 - KA03, 90514000 - KA03, 90710000
3)Quantity or scope:
A maximum of 10 trials is envisaged across the 4 Lots/countries. The
number of trials in each Lot/country and the values of each of the
contracts will depend on the tenders received. The total project budget
for all of the trials is fixed.
4)Indication about different date for start of award procedures and/or
duration of contract
Scheduled date for
start of works: 1.6.2016
completion of works: 1.6.2018
5)Additional information about lots:
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): This series of trials is
part of the Critical Raw Materials Closed Loop Recovery project.
This project is being funded through the EU Life 2014 programme.
VI.2)Additional information:
The Critical Raw Materials Closed Loop Recovery project is working to
ensure that a wider range of minerals and metals are recovered during
recycling of waste electronic and electrical equipment (WEEE) in
Europe. The series of collection and recovery trials as part of this
project will help to inform recommendations for a European policy and
infrastructure plan.
The trials part of the project is being delivered by a consortium of
three organisations:
Waste and Resources Action Programme (WRAP, [9]www.wrap.org.uk) is a
UK registered charity and not for profit company. It's vision is a
world where resources are used sustainably. It works with businesses,
individuals and communities to help them reap the benefits of reducing
waste, developing sustainable products and using resources in an
efficient way.
European Recycling Platform (ERP, [10]www.erp-recycling.co.uk) has
the mission to develop high-quality, cost-effective recycling services
for the benefit of producer members, consumers and ultimately the
environment and society.
European Advanced Recycling Network (EARN, [11]www.earn-service.com)
provides its customers with all services related to compliance with the
WEEE Directive throughout Europe, centrally coordinated by a single
source.
WRAP will be the Contracting Authority for the trials and will manage
the contracts of the UK trials. ERP and EARN will manage the contracts
of the trials in Germany, Italy and Turkey.
Further information about the project can be found at
[12]www.criticalrawmaterialrecovery.eu
Organisations which are interested in tendering to deliver these trials
are strongly recommended to visit the project website, and to remain in
contact for updates through the various communication methods offered.
To view this notice, please click here:
[13]https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=1773
24822
GO Reference: GO-2016111-PRO-7560791.
VI.3)Information on general regulatory framework
VI.4)Date of dispatch of this notice:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Lieferung von Konferenzstühlen - DE-Leverkusen
Möbel für Konferenzräume
Stühle
Dokument Nr...: 832373-2016 (ID: 2016010511241339585)
Veröffentlicht: 07.01.2016
*
226-2015, Lieferung von Konferenzstühlen für zwei städtische Gymnasien:
Landrat-Lucas-Gymnasium und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Stadt Leverkusen
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
1 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
Bekanntmachung
Aktenzeichen:
Vergabe-Nr.: 226-2015
Bezeichnung des Verfahrens: 226-2015, Lieferung von
Konferenzstühlen für zwei städtische
Gymnasien: Landrat-Lucas-Gymnasium
und Freiherr-vom-Stein-Gymnasium,
Stadt Leverkusen
1. Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung gemäß 3 Abs. 1 VOL/A
2. Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle
Bezeichnung
Stadt Leverkusen - Zentrale Vergabestelle
Postanschrift
Moskauer Str. 4a, 51373 Leverkusen
Telefon-Nummer 0214/406-0
Telefax-Nummer 0214/406-5532
E-Mail-Adresse zentrale.vergabestelle@stadt.leverkusen.de
URL www.leverkusen.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
3. Bezeichnung der den Zuschlag erteilenden Stelle
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Stadt Leverkusen - Fachbereich Schulen (40)
Postanschrift
Goetheplatz 1-4, 51379 Leverkusen
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
4. Bezeichnung der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Postanschrift
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Vergabemarktplatz NRW
5. Form der Angebote
Postalischer Versand, Elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, Elektronisch mit qualifizierter elektronischer
Signatur
Die Abgabe digitaler Angebote unter www.evergabe.nrw.de unter Beachtung der dort genannten
Nutzungsbedingungen ist zugelassen.
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
2 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
6. Art und Umfang der Leistung sowie Ort der Leistungserbringung
Die Stadt Leverkusen vergibt im Wege einer öffentlichen Ausschreibung die Lieferung von Konferenzstühlen für
das Lehrerzimmer und einen Besprechungsraum des Landrat-Lucas-Gymnasium sowie für das Lehrerzimmer
des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Leverkusen.
Hauptleistungsort:
Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Str. 7, 51379 Leverkusen
Weitere(r) Leistungsort(e):
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Str. 77, 51375 Leverkusen
7. ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose
Eine Aufteilung in Lose ist nicht beabsichtigt.
8. g g f . Z u l a s s u n g v o n N e b e n a n g e b o t e n
Nebenangebote werden nicht zugelassen.
9. etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist
Beginn: Schnellstmöglich in Absprache mit der jeweiligen Schulleitung
Ende: Spätestens April 2016
10. Bezeichung der Stelle, die die Vergabeunterlagen und die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
abgibt
wie Ziffer 2
Bezeichnung
Postanschrift
Telefon-Nummer
Telefax-Nummer
E-Mail-Adresse
Vergabemarktplatz NRW
Zu den unter www.evergabe.nrw.de genannten Nutzungsbedingungen können die Vergabeunterlagen
kostenlos heruntergeladen und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen werden.
11. Schlusstermin für die Anforderung von Vergabeunterlagen oder Einsicht in die Vergabeunterlagen
21.01.2016 10:00 Uhr
12. Ablauf der Angebotsfrist
21.01.2016 10:00 Uhr
13. Ablauf der Bindefrist
19.02.2016 23:59 Uhr
14. Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und Zahlungsweise
Eine Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform wird nicht angeboten
15. Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen
Keine; siehe Besondere Vertragsbedingungen
16. Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind
Sofern in der Vergabeunterlagen nichts Anderweitiges bestimmt ist, gelten die Regelungen des 17 VOL/B.
17. Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen zur Beurteilung der Eignung
Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers:
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Unterschriebenes Formblatt "Angebot nach VOL"
- Ausgefüllte Seite 4 der Leistungsbeschreibung
- Ausgefülltes und mit Preisen versehenes Leistungsverzeichnis
- Formblatt "Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit"
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Nachweis der Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
3 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
- Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft
Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung in Steuersachen,
- Nachweis einer Haftpflichtversicherung,
- Freistellungsbescheinigung gem. 48 EStG,
- Bankauskünfte oder Bankerklärungen,
- Bilanzauszüge, Umsatznachweise,
- Bescheinigung über erfüllte Beitragspflichten zur Sozialversicherung,
Unterlagen, die der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern
diese Unterlagen frei abrufbar
sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an.
Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Farbiges Prospektmaterial über die angebotenen Stühle (alle im Leistungsverzeichnis geforderten Angaben
müssen zwecks Beurteilung der Gleichwertigkeit aus dem Prospektmaterial hervorgehen)
Auf gesonderte Anforderung durch den Auftraggeber
sind vom Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
- Referenzliste über die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren ausgeführten Leistungen, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Aufstellung über die dem Bieter für die Ausführung
der Leistung zur Verfügung stehende technische und
personelle Ausstattung
- Erklärung über Bietergemeinschaften (sofern beabsichtigt)
- Verzeichnis über Art und Umfang der von Nachunternehmen auszuführenden Leistungen (sofern beabsichtigt)
- Nachweis der Stohlstoffbelastbarkeit über mindestens 60.000 Scheuertouren (Martindale)
- Farbkarte für die angebotene Stuhlbezugsstoffgruppe (Vorlage mit Muster-Stuhl)
- Jeweils ein Musterstuhl für Pos. 1 und Pos. 2 des Leistungsverzeichnisses
Sonstiger Nachweis
Mit dem Angebot hat der Bieter folgende Unterlagen vorzulegen:
- Unterschriebene Verpflichtungserklärung nach 18 TVgG-NRW zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen
- Unterschriebene Verpflichtungserklärung nach 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und Förderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
18. Mit dem Angebot vorzulegende Eigenerklärungen zur Auftragsdurchführung
19. Angabe der Zuschlagskriterien
Wertungsmethode: Wirtschaftlich günstigstes Angebot gemäß der im Anschreiben oder den Vergabeunterlagen
angegebenen Kriterien.
20. Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten
Sofern das Angebot einer anerkannten Werkstätte für behinderte Menschen oder einer anerkannten
Blindenwerkstätte oder diesen Einrichtungen vergleichbare Einrichtungen (nachfolgend bevorzugte Bieter)
ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines insofern nicht bevorzugten Bieters ist,
so wird dem bevorzugten Bieter der Zuschlag erteilt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote
wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 von Hundert berücksichtigt.
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der angebotenen Lieferungen
zu einem wesentlichen Teil durch die bevorzugten Bieter erfolgt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Wertschöpfung durch ihre Beschäftigten mehr als 10 % des Nettowerts der zugekauften Waren beträgt.
21. Sonstiges
Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter https://www.vmp-rheinland.de kostenfrei zum Herunterladen zur
Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht möglich.
Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um die Neuausschreibung der nicht vergebenen Vergabe-Nr.
138-2015!
VHB-VOL NRW VOL 3a
01/2015 Vergabebekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
4 05.01.2016 10:13 Uhr - VMP
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1Y5Q3
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2016/01/10201.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei - DE-Bamberg
Beschaffungsberatung
Dokument Nr...: 832473-2016 (ID: 2016011207465145048)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei
a) die Bezeichnung und die Anschrift
der ausschreibenden Stelle
Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei
Pödeldorferstraße 77/79
96052 Bamberg
Telefon 0951/9331-860
Telefax 0951/9331-539
E-Mail arbeitsgruppe.lzb@polizei.bayern.de
b) die Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
c) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:
Die digitale Abgabe eines Angebotes wird nicht unterstützt. Bitte geben Sie Ihr Angebot/Teilnahmeantrag in konventioneller
Papierform ab.
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung:
Aktenzeichen EA-1781-0135/1
Kurzbeschreibung universitäre Mitwirkung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Logistikzentrum Bayern / Polizei
ausf. Beschreibung Unterlagenanforderung unter
http://www.polizei.bayern.de/news/ausschreibung/aktuell/dienstleistungen/index.html
Der Auftraggeber vergibt eine Rahmenvereinbarung mit einer universitären Einrichtung über zwei Berater zur
wirtschaftswissenschaftlichen Mitwirkung bei der Erarbeitung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen verschiedener Modelle für
ein mögliches Logistikzentrum Bayern der Bayerischen Polizei und Justiz einschließlich einer abschließenden Expertise des
Lehrstuhlinhabers für politische Entscheidungsträger. Die geforderten Leistungskriterien und Rahmenbedingungen der Mitwirkung
ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Erteilung des Zuschlags und endet am 31.12.2016 (eine optionale Verlängerung um bis zu 6
Monate ist möglich).
Ort der Leistung: 96052 Ausführung teilweise in Bamberg, teilweise am Sitz des Auftragnehmers
g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
CPV-Code Bezeichnung
79418000-7 Beschaffungsberatung
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/xvergabe/2016/01/vmshh001_134313.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen - DE-Gießen
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dokument Nr...: 832573-2016 (ID: 2016011810591854159)
Veröffentlicht: 18.01.2016
*
BAB A 45, Ersatzneubau der UEF HHW bei Asslar, km 161,79,
Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen
Aktenzeichen: 9j4c-2016-00013-BA44
1. Auftraggeber (Vergabestelle): Offizielle Bezeichnung:Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Straße:Schillerstraße 8
Stadt/Ort:36043 Fulda
Land:Deutschland
Zu Hdn. von :Frau Glatter
Telefon:+49 661/49953 214
Fax:+49 661 49953 103
E-Mail:heike.glatter@mobil.hessen.de
digitale Adresse(URL): http://www.mobil.hessen.de
2. Art der Leistung : Dienstleistung
3. Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BAB A 45, Ersatzneubau der UEF HHW bei Asslar, km 161,79,
Objekt- u. Tragwerksplanung sowie besondere Leistungen
4. Form des Verfahrens: formloses Bewerbungsverfahren vor freihändiger Vergabe
5. Frist, bis zu der die Interessenbekundung eingegangen sein muss:
Bewerbungsfrist: 27.01.2016 10:30 Uhr
6. Leistungsbeschreibung
Art und Umfang des Auftragsgegenstandes :
Aufgrund des geplanten Ausbaus der BAB A 45 wird es erforderlich, das Bauwerk UEF HWW bei Asslar, km 161,79 zu ersetzen. Das
Bauwerk liegt im Zuge der BAB A 45, zwischen den Anschlussstellen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost, nördlich der Stadt Wetzlar
in Hessen.
Bestandsbauwerk:
Die im Jahre 1970 errichtete Brücke überführt einen Wirtschaftsweg über die A 45.
Einstegiger-, Spannbetonplattenbalken, 6,50 m Breite z.d.G., 4-Feldbauwerk, Gesamtlänge = 103 m, Lichte Höhe ca. 15,06 m,
Pfahlgründung, Zustandsnote 3,0, Kreuzungswinkel 100 gon, Brückenklasse DIN 30, Brückenfläche 670 m2.
Ersatzneubau:
Stahlverbundbauwerk gemäß Gestaltungskonzept, Variante B, "Mehrfeldbauwerk mit größeren lichten Höhen". Der geplante
Verbundüberbau ist eine integrale oder semintegrale Hybridkonstruktion und setzt sich dabei aus Stahlträgern sowie einer
biegesteif angeschlossenen Fahrbahnplatte (Betonfertigteile mit Ortbetonergänzung) zusammen. Die Schrägstile werden aus
Stahlbeton hergestellt.
Linienführung des überführten Verkehrsweges entweder weitestgehend analog der vorhandenen Trassierung oder Lage des neuen
Bauwerks unmittelbar neben der vorhandenen Achse, jedoch auf geänderter Höhenlage. Abmessungen ähnlich Bestandsbauwerk.
Mit fertiggestellter Vorskizze erfolgt durch den AG die Durchführung von Erkundungsbohrungen sowie die Erstellung des
Baugrundgutachtens (hierfür ist eine Zeitdauer von ca. 5-6 Monate einzurechnen). Das fertiggestellte Baugrundgutachten ist
Voraussetzung für den Beginn der Neubauentwurfsplanung.
Für das Bauwerk werden Ingenieurleistungen der Objektplanung und Tragwerksplanung der LP 1 bis 5 nach HOAI für
Ingenieurbauwerke abgerufen. Sowie im geringen Umfang Besondere Leistungen.
Leistungsumfang
Für das o.g. Vorhaben einschl. der erforderlichen Verbauten sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:
1. Leistungen nach HOAI:
Ersatzneubau
- Objektplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 1 bis 5
- Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 bis 5
Baubehelfe / Verbauten
- Objektplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 und 3
- Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke -Leistungsphasen 2 und 3
2. Besondere Leistungen:
1. Bauzeitenkonzept und Baulogistik
2. Abbruchkonzept- und Planung
3. Für den Bauwerksentwurf ist ein Langtext - Preis - Verzeichnis zu erstellen.
Die besonderen Leistungen werden analog HOAI frei vereinbart.
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Hauptgegenstand:
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Ergänzende Gegenstände:
Ort der Ausführung / Erbringung der Leistung :
NUTS-Code : DE721 Gießen, Landkreis
Zeitraum der Ausführung :
Beginn der Ausführung:
spätestens 6 Werktage nach Auftragsvergabe
Übergabe der Vorskizze:
spätestens 8 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Übergabe der fertigen Entwurfsplanung
40 Kalenderwochen nach Bearbeitungsbeginn bzw. 16 Wochen nach Übergabe Baugrundgutachten
Die Festlegung der übrigen Termine, insbesondere Zwischentermine und deren Fristen erfolgt in der Leistungsbeschreibung.
Die Fristen für Zwischentermine und zur Fertigstellung werden mit Vertragsstrafen belegt.
7. Bewerbungsbedingungen: Die nachfolgend genannten Angaben, Erklärungen und Nachweise sind zur Prüfung der
Fachkunde und Zuverlässigkeit erforderlich:
a.) Firmenkurzprofil mit Angaben zum Leistungsspektrum
b.) Vorlage von maximal 3 vergleichbaren Referenzprojekten, die innerhalb der letzten 3 Jahre bearbeitet wurden.
c.) Erklärungen über den Gesamtumsatz und den Umsatz mit entsprechenden Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung
sind.
d.) Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung, gefordert werden folgende Deckungssummen: 1,5 Mio. für
Personenschäden und 1,0 Mio. für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden). Es ist der Nachweis zu erbringen, dass
die Maximierung der Ersatzleistungen mindestens das 2-fache der vorgenannten Deckungssummen beträgt. Als Beleg hierfür ist
eine Bestätigung der Versicherung (z.B. in Form einer Kopie der Versicherungspolice) dem Teilnahmeantrag beizufügen. Bei
Unterschreitung der geforderten Berufshaftpflichtversicherungsdeckungssumme ist eine Erklärung des Versicherers beizufügen,
dass im Auftragsfall der Versicherungsschutz auf die geforderten Deckungssummen erhöht wird.
Bei Bewerbergemeinschaften sind diese Nachweise für jedes Mitglied getrennt zu erbringen.
e.) Erklärung, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.
- wirksames Berufsverbot ( 70 StGB),
- wirksames vorläufiges Berufsverbot ( 132a STPO),
- wirksame Gewerbeuntersagung ( 35 GewO),
- rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen:
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ( 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung ( 334 StGB), Vorteilsgewährung
( 333 StGB), Diebstahl ( 242 StGB),Unterschlagung ( 246 StGB), Erpressung ( 253 StGB), Betrug ( 263 StGB), Subventionsbetrug (
264 StGB), Kreditbetrug ( 265b StGB), Untreue ( 266 StGB), Urkundenfälschung ( 267 StGB), Fälschung technischer
Aufzeichnungen ( 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren ( 283 ff. StGB), Wettbewerbsbeschränkende
Absprachen bei Ausschreibungen ( 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr ( 299 StGB), Brandstiftung ( 306 StGB),
Baugefährdung ( 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung ( 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen
Abfällen ( 326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet
wurde.
f.) Erklärung, dass gegen mich/uns kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet
oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzplan rechtskräftig
bestätigt wurde.
g.) Erklärung, dass sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
h.) Erklärung, dass ich/wir die Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben erfüllt haben.
i.) Angaben über die Auftragsteile, für die eine Unterauftragsvergabe beabsichtigt ist.
j.) Der Bewerber sowie die anderen Unternehmen (Nachunternehmer) und Verleihunternehmen, soweit diese bereits bei Abgabe des
Teilnahmeantrages bekannt sind, haben sich mit dem Teilnahmeantrag zur Einhaltung der Tariftreue und Mindestentgelt zu
erklären. Der Auftragnehmer hat nach Zuschlagserteilung die von ihm vorgesehenen anderen Unternehmen und Verleihunternehmen
ebenfalls zur Einhaltung der Tariftreue und Mindestentgelt zu verpflichten. Die jeweilige Verpflichtungserklärung ist dem
Auftraggeber spätestens vor Beginn der Leistung der anderen Unternehmen und Verleihunternehmen vorzulegen.
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen Präqualifikationsregister der
Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern ( 13 Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Bei Einsatz von anderen Unternehmern (Nachunternehmer) sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese
abzugeben. Präqualifizierte andere Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag im Hessischen
Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. oder in vergleichbaren Präqualifikationsregistern ( 13
Abs.2 HVTG) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Falls der Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, behält sich der AG vor folgende Unterlagen zu fordern (gilt auch für die
Nachunternehmer):
- Je eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers zu den benannten Referenzen, dass die Leistungen auftragsgemäß erbracht
wurden.
- Bezüglich des Gesamtumsatzes eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder ein entsprechend
testierter Jahresabschluss oder eine entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnung.
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen und eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der
Berufsgenossenschaft / des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.
Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Kriterium A:
Firmenprofil der sich bewerbenden Organisationseinheit.
Das Kriterium A wird mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.
- 5 Punkte: bestmögliche Übereinstimmung
- 0 Punkte: keine Übereinstimmung
Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:
Übereinstimmung des Firmenprofils hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung.
Kriterium B:
Erbrachte Leistungen für vergleichbare Aufgabenstellungen, die in den letzten 3 Jahren von der sich bewerbenden
Organisationseinheit hinsichtlich der auftragsgegenständlichen Leistungen erbracht wurden. Zur Bewertung werden die
Referenzprojekte herangezogen, die vom Bewerber zu benennen sind.
Das Kriterium B wird mit einer Punktzahl zwischen 5 und 0 Punkten bewertet.
Die Zwischenwerte, Spanne zwischen > 0 Punkte und < 5 Punkten, ergeben sich aus folgenden Bedingungen:
- Anzahl der wertbaren Referenzprojekte
und insbesondere
- Übereinstimmung der wertbaren Referenzobjekte hinsichtlich Inhalt und Umfang mit der auftragsgegenständlichen Leistung.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. 6 Abs. 3, 4 VOL/A, 13 Abs. 1, 2 HVTG), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise
(u.a.HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
8. Zuschlagskriterien
Preis
9. Beschränkung der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Teilnahme aufgefordert werden sollen:
mindestens (soweit geeignet) :3 / ,höchstens 5
Anzahl gesetzte Bieter 0
10. Auskünfte erteilt: Offizielle Bezeichnung:Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
Straße:Schillerstraße 8
Stadt/Ort:36043 Fulda
Land:Deutschland
Zu Hdn. von :Herr Thomas Hendler
Telefon:+49 661/49953 182
Fax:+49 661 49953 103
E-Mail:thomas.hendler@mobil.hessen.de
digitale Adresse(URL): http://www.mobil.hessen.de
11. Bewerbungsunterlagen sind anzufordern bei: Offizielle Bezeichnung:Es werden nur die unter Punkt 12 genannten
Unterlagen digital zur Verfügung gestellt.
12. Sonstige Angaben: Das Verfahren unterliegt weder dem gesetzlichen Vergaberechtsverfahren noch den
gemeinschaftlichen Vergaberichtlinien. Die allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der
Transparenz werden gewahrt.
Ein Anspruch auf Aufforderung zur Angebotsabgabe besteht auf Grund der Interessenbekundung nicht.
Interessierte, die innerhalb von 8 Wochen nach der Abgabefrist keine Aufforderung zur Angebotsabgabe erhalten haben, wurden
nicht berücksichtigt. Eine gesonderte Information der Vergabestelle, dass die Interessenbekundung nicht angenommen wurde,
ergeht nicht an die Interessierten.
Der Auftraggeber stellt für die Teilnahme an dem Interessenbekungsverfahren den Bewerbern kostenfrei folgende Unterlagen zur
Verfügung:
- Vordruck Teilnahmeantrag Interessenbekundungsverfahren
- Vordruck Eigenerklärung Eignung
- Vordruck Erklärung Bewerbergemeinschaft
- Vordruck Verzeichnis Nachunternehmerleistungen
- Vordruck HE - Verpflichtungserklärung Tariftreue (03/15)
Die Vordrucke sind der Bekanntmachung in digitaler Form angehängt.
Weitere Unterlagen stellt der Auftraggeber nicht zur Verfügung.
Falls Sie bereit sind, an dem Interessenbekundungsverfahren teilzunehmen, werden Sie gebeten, Ihre Unterlagen in einem
verschlossenen Umschlag bis zu dem unter Punkt 5 genannten Termin an die unter Punkt 1 genannte Adresse einzusenden oder dort
abzugeben.
Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift und der Angabe "" zu versehen.
Es gelten die nachstehenden Bewerbungsbedingungen:
1. Die Bewerbung ist in deutscher Sprache abzufassen. Anträge in anderer Sprache werden ausgeschlossen.
2. Es sind ausschließlich die von der Vergabestllen vorgegebenen Vordrucke zu verwenden und einzureichen. Die Vordrucke sind
an den vorgesehenen Stellen vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Nicht unterschriebene Bewerbungen werden
ausgeschlossen.
3. Eine nicht fristgerecht eingereichte Bewerbung wird ausgeschlossen.
4. Eine Bewerbung, die die Mindeststandards nicht erfüllen, wird ausgeschlossen.
5. Bewerbergemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung gemäß dem Vordruck
Erklärung Bewerbergemeinschaft abzugeben,
- in der die Bildung einer Bietergemeinschaft im Fall der Angebotsbearbeitung erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Vergabestelle rechtsverbindlich vertritt,
6. Ein Wechsel der Identität des Bewerbers oder der Bewerbergemeinschaft ist nicht zugelassen.
7. Beabsichtigt der Bewerber, wesentliche Teile der Leistung von Nachunternehmer ausführen zu lassen, muss er in seiner
Bewerbung die durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben.
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/hessen/2016/01/000269011499.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Katholikentag - Mietweise Gestellung von Bauzäunen und Absperrungen - DE-Leipzig
Event-Organisation
Dokument Nr...: 832773-2016 (ID: 2016012111302059483)
Veröffentlicht: 21.01.2016
*
Katholikentag - Mietweise Gestellung von Bauzäunen und Absperrungen
1
Vollständige Bekanntmachung
100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V.
Öffentliche Ausschreibung
Mietweise Gestellung von Bauzäunen/Absperrungen vom 21. Mai bis zum 30. Mai 2016
a) Vergabestelle/Auftraggeber
100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V.
Nikolaistraße 27-29, 04109 Leipzig
Postfach 100410, 04004 Leipzig
b) Art der Vergabe
Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A
c) Form in der die Angebote einzureichen sind
Wird in den Vergabeunterlagen beschrieben.
d) Art und Umfang der Leistung, Ort der Leistungserbringung
Der Deutsche Katholikentag ist eine fünftägige Großveranstaltung, die alle zwei Jahre in einer anderen Großstadt oder
Region stattfindet. Für die Umsetzung des 100. Deutschen Katholikentags in Leipzig werden Bauzäune und Absperrungen an
diversen Plätzen im Stadtgebiet Leipzig benötigt.
Art und Umfang gemäß Leistungsbeschreibung.
e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose
Es erfolgt keine Aufteilung in Lose.
f) Nebenangebote
sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist
Durchführungs- / Veranstaltungszeitraum: 21. Mai bis 30. Mai 2016
Auf- und Abbauzeiten: Sind Bestandteil der Vertragsbedingungen
h) Bezeichnung der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können
100. Deutscher Katholikentag Leipzig e.V.
Bereich Planung und Technik
Debora Schleicher
E-Mail: ausschreibung@katholikentag.de
i) Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist
Schlusstermin für den Eingang der Angebote: Mittwoch, 24. Februar 2016, 16:00 Uhr
Bindefrist: Die Bieter sind bis zum 23. März 2016 an ihr Angebot gebunden.
j) Höhe der geforderten Sicherheitsleistungen
2
Keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
l) Geforderte Angaben zur Beurteilung der Eignung des Bieters
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
m) Zuschlagskriterien
Werden in den Vergabeunterlagen genannt.
n) Sonstige Angaben
Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ausschließlich digital per E-Mail.
Die Ausschreibungsunterlagen werden ab dem 25.01.2016 verschickt.
Mit der Abgabe des Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote gemäß 19 VOL/A.
Es gilt deutsches Recht. Die gesamte Korrespondenz ist in deutscher Sprache abzufassen.
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/100-Deutscher-Katholikentag-Leipzig-2016-e-V/2016/01/1426454.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und Orientierungsarbeiten Jgst. 2 - DE-Bayern
Druckschriften
Postversand
Dokument Nr...: 832973-2016 (ID: 2016012516193263603)
Veröffentlicht: 27.01.2016
*
Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und
Orientierungsarbeiten Jgst. 2 im Schuljahr 2015/2016
a) die Bezeichnung und die Anschrift
der ausschreibenden Stelle
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Salvatorstraße 2
80333 München
Telefon 08921862129
Telefax
E-Mail vergabestelle@stmbw.bayern.de
b) die Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
c) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:
Die digitale Abgabe eines Angebotes wird nicht unterstützt. Bitte geben Sie Ihr Angebot/Teilnahmeantrag in konventioneller
Papierform ab.
d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung:
Aktenzeichen II.1 BS 4200.4.2-6a.165670
Kurzbeschreibung Druck und Versand der Testhefte VERA-3 und Orientierungsarbeiten Jgst. 2 im Schuljahr 2015/2016
ausf. Beschreibung Die kompletten Vergabeunterlagen stehen kostenfrei zum Download unter
http://www.km.bayern.de/ministerium/recht/vergabe.html zur Verfügung.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Testhefte (VERA-3) und Testblätter (Orientierungsarbeiten) zu drucken, zu verpacken
und diese an insgesamt ca. 2.300 Adressaten mit etwa 5.100 (VERA-3) bzw. 5.530 Klassen (Orientierungsarbeiten) zu übermitteln.
Druck, Verpackung und Versand haben so zu erfolgen, dass der Eingang bei den Adressaten am 12.04.2016 oder 13.04.2016
sichergestellt ist.Die 3 Testhefte für die Vergleichsarbeiten VERA-3 sind in einer voraussichtlichen Auflagenhöhe von
insgesamt 390.000 Stück zu drucken. Die Tests für die Orientierungsarbeiten (1 Blatt, Vorder- und Rückseite bedruckt) sind
in einer voraussichtlichen Auflagenhöhe von 138.300 Stück zu drucken.
Ort der Leistung: bayernweit
g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 13.04.2016
Erläuterungen Druck, Verpackung und Versand haben so zu erfolgen, dass der Eingang bei den Adressaten am 12.04.2016 oder
13.04.2016 sichergestellt ist
CPV-Code Bezeichnung
22160000-9 Druckschriften
79571000-7 Postversand
Source: 4 http://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/xvergabe/2016/01/vmshh001_135332.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung - FR-Évreux
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
Dokument Nr...: 8373-2016 (ID: 2016011212571445981)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FR-Évreux: Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
2016/S 7/2016 8373
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Grand Évreux Agglomération
Service commande publique, 9 rue Voltaire, CS 40423
Kontaktstelle(n): Service commande publique
27004 Évreux Cedex
FRANKREICH
Weitere Auskünfte erteilen: Grand Évreux Agglomération
Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
Zu Händen von: Service commande par télécopie au +33 232319295
27004 Évreux Cedex
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Grand Évreux Agglomération
service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
27004 Évreux Cedex
Internet-Adresse: [4]https://marchespublics.cg27.fr
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Grand Évreux
Agglomération
Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
27004 Évreux Cedex
Internet-Adresse: [5]https://marchespublics.cg27.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
79420000 - DA28
Beschreibung
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 16:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Französisch.
References
4. https://marchespublics.cg27.fr/
5. https://marchespublics.cg27.fr/
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte
France-Évreux: Services relatifs à la gestion
2016/S 007-008373
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Grand Évreux Agglomération
Service commande publique, 9 rue Voltaire, CS 40423
Point(s) de contact: Service commande publique
27004 Évreux Cedex
FRANCE
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues: Grand Évreux Agglomération
Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
À l'attention de: Service commande par télécopie au +33 232319295
27004 Évreux Cedex
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Grand Évreux Agglomération
service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
27004 Évreux Cedex
Adresse internet: [6]https://marchespublics.cg27.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées: Grand Évreux Agglomération
Service commande publique 9 rue Voltaire, CS 40423
27004 Évreux Cedex
Adresse internet: [7]https://marchespublics.cg27.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: Établissement public de coopération intercommunal
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 11: Services de conseil en gestion [6] et
services connexes
Code NUTS FR
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur laccord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de laccord-cadre
Durée en mois: 60
Justification dun accord-cadre dont la durée dépasse quatre ans: Cette
exception de durée de marché s'explique du fait de l'objet du présent
marché. en effet, le code de la construction et de l'habitation, en son
article L615-2, prévoit que le plan de sauvegarde est conclu pour une
durée de 5 ans ferme.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour lensemble de la
durée de laccord-cadre
Valeur estimée hors TVA: 445 000 EUR
II.1.5)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Suivi animation du plan de sauvegarde des copropriétés privées Aubépine
et Acacia sur le territoire du GEA.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
79420000 - DA28
II.1.7)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Marché unique à bons de commande sans mini et maxi et un opérateur
économique.montant estimatif 445 000 EUR (HT). Le marché est conclu
pour une période de 5 ans à compter de la notification du contrat.
II.2.2)Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Des prestations similaires pourront être
réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes
(art. 35-ii.6° du CMP).
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
Caractéristiques des prix: Prix unitaires. Modalités de variation des
prix: Révision mensuelle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les
conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: via
un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de
paiement est de 30 jours. Modalités de financements: Ressources propres
et subventions en cours de demande (Anah).
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux
candidats de présenter plusieurs offres en tant que mandataire de
plusieurs groupement.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris
exigences relatives à linscription au registre du commerce ou de la
profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire; Le candidat produit un extrait K-BIS et si
nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager
juridiquement; Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui
de la candidature, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces
opérateurs économiques pour l'exécution du marché.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au
cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies:
Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années, (sous forme de tableau par année avec
l'effectif total et le nombre de cadres).
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues dindiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre dopérateurs invités à
soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre dopérateurs durant la négociation ou le
dialogue
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Valeur technique: Compétence et expérience de l'équipe affectée à la
réalisation de la prestation. Pondération 20
3. Valeur technique: Méthodologie du candidat pour réaliser sa mission
(respect du plande sauvegarde et éléments complémentaires). Pondération
10
4. Valeur technique: Organisation de travail des membres de l'équipe et
vis à vis du GEA. Pondération 10
5. Valeur technique: Stratégie de communication prévue selon les
attentes de la convention de plan. Pondération 10
6. Valeur technique: Décomposition des temps passés par catégorie
d'intervenant et par prestation (chronogramme pluriannuel prenant en
compte les contraintes inhérentes à la prestation). Pondération 10
7. Prix des prestations. Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur:
151300
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
22.2.2016 - 16:00
IV.3.5)Date denvoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans loffre ou la demande de
participation
français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités douverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de
candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur
candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
[8]www.economie.gouv.fr Les offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures: L'organisme acheteur préconise la
transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis
adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la
confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence
sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique
est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat
conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste
de confiance française ([9]http://references.modernisation.gouv.fr) ou
sur une liste de confiance d'un autre état-membre de l'union
européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le
certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous
les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout
document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de
sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les
documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après
l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature
manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
E-mail: [10]greffe.ta-rouen@juradm.fr
Téléphone: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Référé
précontractuel introduit du début de la procédure jusqu'à la signature
du marché (article L551-1 à L551-6 du code de justice administrative).
Référé contractuel introduit de l'avis de publication au JOUE jusqu'au
31ème jour suivant (article R551-7 du code de justice administrative)
Recours gracieux ou recours pour excès de pouvoir: deux mois à compter
de la notification de la décision de rejet (article R 421-2 du code de
Justice administrative) Recours de plein contentieux à l'encontre du
marché: 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
concernant son attribution, pouvant être assorti d'une demande de
suspension de l'exécution du marché (article l 521-1 du code de Justice
administrative).
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.5)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen - PT-Lissabon
Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
Dokument Nr...: 8473-2016 (ID: 2016011212580346080)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
PT-Lissabon: Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
2016/S 7/2016 8473
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
1649-035 Lisboa
PORTUGAL
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
50421000
Beschreibung
Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 97 620 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Maquet, Lda
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 97 620 EUR
ohne MwSt
References
OT: 12/01/2016 S7 - - Serviços - Anúncio de adjudicação - Processo
por negociação mediante procedimento acelerado
Portugal-Lisboa: Serviços de reparação e manutenção de equipamento
médico
2016/S 007-008473
Anúncio de adjudicação de contrato
Serviços
Directiva 2004/18/CE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1)Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
1649-035 Lisboa
PORTUGAL
I.2)Tipo de autoridade adjudicante
Organismo de direito público
I.3)Actividade principal
Saúde
I.4)O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades
adjudicantes
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de
outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1)Descrição
II.1.1)Título atribuído ao contrato
Ajuste direto n.º 169G000008.
II.1.2)Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de
prestação dos serviços
Serviços
Código NUTS
II.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição
Dinâmico (SAD)
II.1.4)Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
Aquisição de serviços de manutenção aos equipamentos de ventilação
pulmunar.
II.1.5)Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
50421000
II.1.6)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
II.2)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
II.2.1)Valor total definitivo do(s) contrato(s)
Valor: 97 620 EUR
Sem IVA
Secção IV: Procedimento
IV.1)Tipo de procedimento
IV.1.1)Tipo de procedimento
Procedimento por negociação acelerado
IV.2)Critérios de adjudicação
IV.2.1)Critérios de adjudicação
IV.2.2)Informação acerca do leilão electrónico
IV.3)Informação administrativa
IV.3.1)Número de referência atribuído ao processo pela autoridade
adjudicante
IV.3.2)Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Secção V: Adjudicação do contrato
V.1)Data da decisão de adjudicação do contrato:
22.12.2015
V.2)Informação sobre as propostas
V.3)Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de
adjudicação do contrato
Maquet, Lda
V.4)Informação sobre o valor do contrato
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 97 620 EUR
Sem IVA
V.5)Informação acerca da subcontratação
Secção VI: Informação complementar
VI.1)Informação sobre os fundos da União Europeia
VI.2)Informação complementar:
VI.3)Procedimentos de recurso
VI.3.1)Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
VI.3.2)Interposição de recursos
VI.3.3)Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a
interposição de recursos
VI.4)Data de envio do presente anúncio:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Unfall- und Krankenversicherungen - FR-Nanterre
Unfall- und Krankenversicherungen
Dokument Nr...: 8573-2016 (ID: 2016011212590546173)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FR-Nanterre: Unfall- und Krankenversicherungen
2016/S 7/2016 8573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Ville de Nanterre
Service des marchés, 88/118 rue du 8 mai 1945, BP 1406
Kontaktstelle(n): Service des marchés
Zu Händen von: Mme Hébert
92014 Nanterre Cedex
FRANKREICH
Telefon: +33 147295244
E-Mail: [4]marches.publics@mairie-nanterre.fr
Fax: +33 147295399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.nanterre.fr
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen:
[8]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66512000
Beschreibung
Unfall- und Krankenversicherungen.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 170/2015 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Axa France Vie (candidature présentée en groupement avec OCAD SAS et
Gras Savoye)
313 terrasses de l'Arche
92727 Nanterre
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: sans suite Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
lot déclaré sans suite
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
Auftrags-Nr: sans suite Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
lot déclaré sans suite
FRANKREICH
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:marches.publics@mairie-nanterre.fr?subject=TED
5. http://www.nanterre.fr/
6. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
7. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
8. https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
France-Nanterre: Services d'assurances accidents et maladie
2016/S 007-008573
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Ville de Nanterre
Service des marchés, 88/118 rue du 8 mai 1945, BP 1406
Point(s) de contact: Service des marchés
À l'attention de: Mme Hébert
92014 Nanterre Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 147295244
E-mail: [6]marches.publics@mairie-nanterre.fr
Fax: +33 147295399
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]http://www.nanterre.fr
Adresse du profil dacheteur:
[8]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
Accès électronique à l'information:
[9]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique: [10]https://marches.local-trust.com/mairie-nanterre
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui
Centre communal d'action sociale de Nanterre
88 rue deu 8 Mai 1945
92000 Nanterre
FRANCE
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Marchés de services d'assurance.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 6a:
Lieu principal dexécution des travaux, de livraison des fournitures ou
de prestation des services: Ville de Nanterre centre communal
d'action sociale de Nanterre, 92000 Nanterre.
Code NUTS FR105
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Marchés de service d'assurance. La présente procédure est organisée en
groupement de commande, constitué entre la Ville de Nanterre et le
C.C.A.S de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 8
alinéa 2 du code des marchés publics. Le groupement a comme
coordonnateur la Ville de Nanterre, chargée d'organiser la procédure,
de signer et de notifier le marché pour chaque membre du groupement.
Chacun d'entre eux s'assurant ensuite de sa bonne exécution. Les
prestations de la présente procédure sont décomposées en 3 lots traités
en marchés séparés. Les contrats sont souscrits à effet du 1.1.2016
pour une durée de 5 ans avec faculté pour les deux parties de
résiliation annuelle sous préavis de 4 mois avant l'échéance du 1er
janvier.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66512000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
critères suivants
1. Tarification: coefficent 3
2. Nature et étendue des garanties qualité des clauses
contractuelles: coefficent 5
3. Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des
sinistres, par la compagnie et/ou l'intermédiaire: coefficient 2
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
DFA-AOOE-36-15
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [11]2015/S 137-252769 du 18.7.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 170/2015 Lot nº: 1 - Intitulé: Assurance Risques statutaires
du personnel (Ville et CCAS).
V.1)Date d'attribution du marché:
9.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 02
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Axa France Vie (candidature présentée en groupement avec OCAD SAS et
Gras Savoye)
313 terrasses de l'Arche
92727 Nanterre
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: sans suite Lot nº: 2 - Intitulé: Assurance assistance
rapatriement de la Ville
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
lot déclaré sans suite
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: sans suite Lot nº: 3 - Intitulé: Assurance Assistance
rapatriement du CCAS
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
lot déclaré sans suite
FRANCE
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
lUnion européenne: non
VI.2)Informations complémentaires:
Les lots 2 et 3 ont été déclarés sans suite.
Prime de cotisation annuelle concernant le lot 1:
pour la Ville: 207 899.95 euro
pour le CCAS: 9 030.62 euro
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP
Annonce no 15-104415, mise en ligne le 15.7.2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.1.2016.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
95027 Cergy-Pontoise
E-mail: [12]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: [13]http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 130173459
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
Tribunal administratif
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
95027 Cergy-Pontoise
E-mail: [14]greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: [15]http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 130173459
VI.4)Date denvoi du présent avis:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Schaden- oder Verlustversicherungen - FI-Naantali
Schaden- oder Verlustversicherungen
Dokument Nr...: 8673-2016 (ID: 2016011213002346273)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FI-Naantali: Schaden- oder Verlustversicherungen
2016/S 7/2016 8673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Naantalin Vuokratalot Oy
0854471-5
Henrikinkatu 3
Kontaktstelle(n): www.novum.fi
FI-21100 Naantali
FINNLAND
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
66515000
Beschreibung
Schaden- oder Verlustversicherungen.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Niedrigstes Angebot 119 000 und höchstes Angebot 150 000 EUR
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Fennia
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
OT: 12/01/2016 S7 - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta -
Avoin menettely
Suomi-Naantali: Vahinkovakuutukset
2016/S 007-008673
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Palvelut
Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Naantalin Vuokratalot Oy
0854471-5
Henrikinkatu 3
Yhteyspiste(et): www.novum.fi
FI-21100 Naantali
SUOMI
I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: kunnan omistama vuokrataloyhtiö
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
II kohta: Hankintasopimuksen kohde
II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Vahinkovakuutusturvan hankkiminen.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 6a:
NUTS-koodi FI1
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Vahinkovakuutusturvan hankkiminen.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
66515000
II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Alhaisin tarjous 119 000 ja korkein tarjous 150 000 EUR
Ilman alv:tä
IV kohta: Menettely
IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Tarjouspyynnön valintaperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia
on julkaistu aiemmin
Hankintailmoitus
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [6]2015/S 199-361443 , 14.10.2015
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: 1 Nimi : Vahinkovakuutukset
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on
tehty
Fennia
V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
V.5)Tietoa alihankinnasta
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite: [7]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: [8]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314
VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste - CZ-eské Budjovice
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
Dokument Nr...: 873-2016 (ID: 2016010209334238165)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
CZ-eské Budjovice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
2016/S 1/2016 873
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
eská republika Státní pozemkový úad
01312774
Rudolfovská 80
Kontaktstelle(n): SPÚ, KPÚ pro Jihoeský kraj
Zu Händen von: Ing. Nikola Navrátilová
370 01 eské Budjovice
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Telefon: +420 739066518
E-Mail: [4]n.navratilova@spucr.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://spucr.cz
Adresse des Beschafferprofils: [6]https://zakazky.spucr.cz
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[7]https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71250000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
Vermessungsdienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 2 630 500 CZK
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
GK Plavec Michalec Geodetická kancelá s.r.o.
Budovcova 2530
397 01 Písek
TSCHECHISCHE REPUBLIK
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 048 550 CZK
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 2 630 500 CZK
ohne MwSt
References
4. mailto:n.navratilova@spucr.cz?subject=TED
5. http://spucr.cz/
6. https://zakazky.spucr.cz/
7. https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
OT: 02/01/2016 S1 - - Sluby - Oznámení o zadání zakázky - Otevené
ízení
eská republika-eské Budjovice: Architektonické, technické
a zemmiské sluby
2016/S 001-000873
Oznámení o zadání zakázky
Sluby
Smrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veejný zadavatel
I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa
eská republika Státní pozemkový úad
01312774
Rudolfovská 80
Kontaktní místo: SPÚ, KPÚ pro Jihoeský kraj
K rukám: Ing. Nikola Navrátilová
370 01 eské Budjovice
ESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 739066518
E-mail: [6]n.navratilova@spucr.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veejného zadavatele: [7]http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího: [8]https://zakazky.spucr.cz
Elektronický pístup k informacím:
[9]https://zakazky.spucr.cz/vz00005276
I.2)Druh veejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní i federální orgán vetn jejich
organizaních sloek
I.3)Hlavní pedmt innosti
Jiný: zemdlství
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veejných zadavatel
Veejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veejných zadavatel: ne
Oddíl II: Pedmt zakázky
II.1)Popis
II.1.1)Název pidlený zakázce
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Orlík nad Vltavou.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky
nebo plnní
Sluby
Kategorie slueb . 12: Sluby architekt; inenýrské sluby,
integrované inenýrské sluby; územní plánování; související
vdeckotechnické poradenství; technické testování a provádní analýz
Hlavní místo provádní stavebních prací, místo dodání nebo plnní: K.ú.
Orlík nad Vltavou, obec Orlík nad Vltavou, okres Písek, kraj Jihoeský.
Kód NUTS CZ031
II.1.3)Informace o rámcové smlouv nebo dynamickém nákupním systému
(DNS)
II.1.4)Struný popis zakázky nebo nákupu()
Zámrem této veejné zakázky je zpracování kompletního návrhu komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Orlík nad Vltavou vetn vech geodetických
prací, a to v tíd pesnosti 3, urené pro obnovu katastrálního
operátu a tvorby DKM.
II.1.5)Spolený slovník pro veejné zakázky (CPV)
71250000
II.1.6)Informace o Dohod o veejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veejných zakázkách (GPA): ne
II.2)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
II.2.1)Celková konená hodnota zakázky i zakázek
Hodnota: 2 630 500 CZK
Bez DPH
Oddíl IV: ízení
IV.1)Druh ízení
IV.1.1)Druh ízení
Otevené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnií nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické drab
Byla pouita elektronická draba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové íslo pidlené veejným zadavatelem
2VZ12233/2015-505101
IV.3.2)Pedchozí zveejnní týkající se stejné zakázky
ne
Oddíl V: Zadání zakázky
Název: Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Orlík nad Vltavou
V.1)Datum zadání zakázky:
28.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Poet obdrených nabídek: 4
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
GK Plavec Michalec Geodetická kancelá s.r.o.
Budovcova 2530
397 01 Písek
ESKÁ REPUBLIKA
V.4)Údaje o hodnot zakázky
Pvodní pedpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 5 048 550 CZK
Bez DPH
Celková konená hodnota zakázky:
Hodnota: 2 630 500 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravdpodobné, e zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uvete hodnotu nebo pomrnou ást zakázky, která bude pravdpodobn
provedena subdodavatelsky tetími stranami:
Hodnota bez DPH 290 305 CZK
Struný popis hodnoty/pomrné ásti zakázky, která bude provedena
subdodavatelsky: Projekce pozemkových úprav a projektování ÚSES.
Oddíl VI: Doplující informace
VI.1)Informace o financování z prostedk Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z
prostedk Evropské unie: ne
VI.2)Dalí informace:
Jedná se o sdruení GK Plavec Michalec Geodetická kancelá s.r.o. a
Ing. Jindich Jíra Projekce.
VI.3)Odvolací ízení
VI.3.1)Subjekt odpovdný za odvolací ízení
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [10]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [11]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.3.2)Podání odvolání
Pesné informace o lhtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání
návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doruit do
15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozvdl o úkonu zadavatele, který
napadá. Zadavatel je povinen námitky vyídit do 10 dn. Návrh je nutné
doruit ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doruení rozhodnutí zadavatele o
námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o
námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úad pro ochranu hospodáské soute
t. Kpt. Jaroe 7
604 55 Brno
ESKÁ REPUBLIKA
E-mail: [12]posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: [13]http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
31.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) - ES-Madrid
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
Dokument Nr...: 8773-2016 (ID: 2016011213010746368)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
ES-Madrid: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
2016/S 7/2016 8773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Dirección del Instituto de Salud Carlos III
Sinesio Delgado, 4
Kontaktstelle(n): Dirección del Instituto de Salud Carlos III
28029 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 918222752
E-Mail: [4]contratacion@isciii.es
Fax: +34 913877809
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.isciii.es
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=MEJwHlltHJE%3D
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
60000000
Beschreibung
Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport).
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 265 779,36 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
UTE Carlos III Campus Majadahonda
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 265 779,36 EUR
References
4. mailto:contratacion@isciii.es?subject=TED
5. http://www.isciii.es/
6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MEJwHlltHJE%3D
OT: 12/01/2016 S7 - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato
- Procedimiento abierto
España-Madrid: Servicios de transporte (excluido el transporte de
residuos)
2016/S 007-008773
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Dirección del Instituto de Salud Carlos III
Sinesio Delgado, 4
Punto(s) de contacto: Dirección del Instituto de Salud Carlos III
28029 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 918222752
Correo electrónico: [6]contratacion@isciii.es
Fax: +34 913877809
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.isciii.es
Dirección del perfil de comprador:
[8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=MEJwHlltHJE%3D
I.2)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus
delegaciones regionales o locales
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
Salud
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Servicio de transporte del personal del ISCIII destinado en el Campus
de Majadahonda.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de
ejecución: ISCIII.
Código NUTS ES
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Servicio de transporte del personal del ISCIII destinado en el Campus
de Majadahonda.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
60000000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 265 779,36 EUR
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
OM0176/2015
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: [9]2015/S 132-243715 de 11.7.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
10.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
UTE Carlos III Campus Majadahonda
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total final del contrato:
Valor: 265 779,36 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Windenergieanlagen - DE-Bielefeld
Windenergieanlagen
Dokument Nr...: 8873-2016 (ID: 2016011213020646466)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
DE-Bielefeld: Windenergieanlagen
2016/S 7/2016 8873
Bekanntmachung vergebener Aufträge Versorgungssektoren
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG
Schildescher Straße 16
Zu Händen von: Herrn Andreas Reinsch
33611 Bielefeld
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 521/517373
E-Mail: [6]andreas.reinsch@stadtwerke-bielefeld.de
Fax: +49 521/514071
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.stadtwerke-bielefeld.de
I.2)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme
Strom
Wasser
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Windenergieanlagen der Multimegawattklasse.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
NUTS-Code DEA41
II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Gegenstand der Ausschreibung ist die Errichtung von bis zu 3
Windenergieanlagen der Multimegawattklasseam Bielefelder Stadtrand,
nahe dem Autobahnkreuz A2/A33. Teilnahmewettbewerb und Ausschreibung
werden von der Stadtwerke Bielefeld GmbH durchgeführt. Die Beauftragung
soll durch eine noch zu gründende Betreibergesellschaft erfolgen. Der
geplante Standort ist noch nicht als Vorranggebiet im
Flächennutzungsplanausgewiesen. Eine Ausweisung wird für das Frühjahr
2015 erwartet. Eine Auftragsvergabe erfolgt vorbehaltlichder
BImSchG-Genehmigung.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45251160
II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit einem Aufruf zum Wettbewerb
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: [8]2014/S 212-376100 vom 4.11.2014
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.1)Auftragsvergabe und Auftragswert
V.1.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
5.1.2016
V.1.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
V.1.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Vestas Deutschlanf GmbH
Eduard-Pestel-Straße 2
49080 Osnabrück
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 541-335320
Fax: +49 541-3353219
V.1.4)Angaben zum Auftragswert
V.1.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
V.1.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
8.1.2016
References
6. mailto:andreas.reinsch@stadtwerke-bielefeld.de?subject=TED
7. http://www.stadtwerke-bielefeld.de/
8. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376100-2014:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Eisenbahnmaterial - FR-Coquelles
Eisenbahnmaterial
Dokument Nr...: 8973-2016 (ID: 2016011213024946564)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
FR-Coquelles: Eisenbahnmaterial
2016/S 7/2016 8973
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Eurotunnel
Batiment F94 BP 69
Zu Händen von: Karine Dekerck
62904 Coquelles
FRANKREICH
Telefon: +33 0321004758
E-Mail: [4]karine.dekerck@eurotunnel.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [5]www.eurotunnel.com
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34940000
Beschreibung
Eisenbahnmaterial.
Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Study, design, integration and supply 1 100%
battery or Bi-mode battery Diesel Shunting Locomotive
1)Kurze Beschreibung:
Lot 1:
Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
locomotives.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34940000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Beginn 3.7.2017 Abschluss 31.7.2019
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Study, design, integration and supply 1 Diesel
shunting locomotive
1)Kurze Beschreibung:
Lot 2:
Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
Locomotives from our current fleet.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34940000
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des
Auftrags
Beginn 3.7.2017 Abschluss 31.7.2019
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
21.1.2016
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch. Französisch.
References
4. mailto:karine.dekerck@eurotunnel.com?subject=TED
5. http://www.eurotunnel.com/
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Contract notice - Negotiated
procedure
France-Coquelles: Railway equipment
2016/S 007-008973
Contract notice utilities
Services
Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Eurotunnel
Batiment F94 BP 69
For the attention of: Karine Dekerck
62904 Coquelles
FRANCE
Telephone: +33 0321004758
E-mail: [6]karine.dekerck@eurotunnel.com
Internet address(es):
General address of the contracting entity: [7]www.eurotunnel.com
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a
dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned
contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Main activity
Railway services
Other: transport
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting
entities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Supply 1 100% battery or Bi-mode battery/diesel shunting locomotive and
supply or refurbish 1 diesel powered shunting locomotive for the
purpose of Infrastructure Works Trains within the Eurotunnel
Concession.
Lot 1 Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery
or Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive. Optional part: Supply of
11 100 % Battery Diesel Shunting locomotives.
Lot 2 Firm part: study, design, integration and supply of Diesel
shunting locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current
fleet. Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish
Schoma Locomotives from our current fleet.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance:
Shunting Locomotives are to be manufactured and commissioned at the
supplier's factory, further commissioning and delivery will be required
at the Eurotunnel Concession in Calais France or Folkestone, England.
NUTS code FR30,UKJ4
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Eurotunnel currently completes infrastructure maintenance activities in
100 km of tunnels using a fleet of 12 Schoma Diesel powered
locomotives. With an objective of continued reduction of exhaust
emissions and air-borne pollutants within the running tunnels during
works the study, design, integration and supply of 2 shunting
locomotives are required.
The 1^st locomotive requirement is for a 100% battery or Bi-mode
battery/diesel locomotive.
The 2^nd locomotive requirement is for a Diesel powered locomotive, the
2^nd locomotive may be a new locomotive or refurbishment of a Schoma
diesel locomotive from our current fleet.
Where possible the same components must be used for both types of
shunting locomotive.
The shunting locomotives will operate in the following parameters:
Normal operating mode:
Hauling loads of 20-200 T at constant speeds between 0,5 kph and 30 kph
on gradients between 0 % and 1,2 % between 8-12 hrs.
Remote Operation:
Both Locomotives must be designed to be controlled by a remote desk
positioned on the adjacent wagon/elevated platform.
Trailer mode:
The shunting locomotives must be designed to be hauled as a vehicle in
passenger mode brake setting at a minimum speed of 100 kph.
100 % battery/ Bi-mode battery/diesel locomotive:
The shunting locomotive must operate for a minimum of 12 hrs on 100 %
battery power and 12 hrs for a Bi-mode battery/diesel Locomotive. The
Diesel generator on the Bi-mode battery/diesel Locomotive must conform
to the latest Euro emission standards.
Diesel Locomotive (new):
A new Diesel locomotive must comply with the latest Euro emission
standards and where possible use the same global design and components
as the 100 % battery/Bi-mode battery/diesel locomotives.
Diesel locomotive (refurbishment option):
A refurbished Schoma Locomotive from the current operational fleet must
comply with the latest Euro Emission Standards and where possible use
the same global design and components as the 100 % battery/ Bi-mode
battery/diesel locomotives.
All locomotive types must conform to the current UIC or equivalent
EN/GM standards in the following areas:
Diesel engine emissions,
Wheel sets,
Drivers cab and driving controls,
Buffers and coupling,
Traction batteries,
Fuel tanks,
Pneumatic air generation and brake system,
Parking brake,
Exterior lighting,
Fire suppression,
Hydraulic systems where applicable,
Gauge.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
34940000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Lot 1:
Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
locomotives.
Lot 2:
Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
Locomotives from our current fleet.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: Lot 2: Option to refurbish a Schoma
Locomotive from our Current fleet.
Eurotunnel since 1994 currently own and operate a fleet of 12 Schoma
Locomotives consisting of 9 CFL 200 and 3 CS 200 type shunting
locomotives. The 26T 2 axle Schoma Locomotives are all powered using
Deutz F10L 413 W, these units are air cooled naturally aspirated diesel
engines producing 170 kW at 2 300 rpm.
For this lot, possibility is given to supplier to provide quotation for
new diesel locomotive and/or quotation for the refurbishment of the
current ones (Schoma).
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Study, design, integration and supply 1 100%
battery or Bi-mode battery Diesel Shunting Locomotive
1)Short description:
Lot 1:
Firm part: study, design, integration and supply 1 100% battery or
Bi-mode Battery Diesel Shunting Locomotive.
Optional part: Supply of 11 100 % Battery Diesel Shunting
locomotives.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
34940000
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
Lot No: 2 Lot title: Study, design, integration and supply 1 Diesel
shunting locomotive
1)Short description:
Lot 2:
Firm part: study, design, integration and supply of Diesel shunting
locomotive or to refurbish Schoma Locomotive from our current fleet.
Optional part: To supply 6 Diesel locomotives or to refurbish Schoma
Locomotives from our current fleet.
2)Common procurement vocabulary (CPV)
34940000
4)Indication about different date for duration of contract or
starting/completion
Starting 3.7.2017 Completion 31.7.2019
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Performance guarantee.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
Payment terms in 60 days from invoice date.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
Registered companies or groups of companies(partnership/JV).
III.1.4)Other particular conditions:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: The following information should be sent to
Eurotunnel with the application form and is a pre-requisite for the
dispatch of specifications.
Company registration certificate;
Statement confirming no intention to file for bankruptcy;
Statement confirming you are eligible to compete;
Statement confirming you have satisfied all social and fiscal
obligations for last 2 years;
Details of any Court proceedings in last 5 years.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: The following information should be sent to
Eurotunnel with the application form and is a pre-requisite for the
dispatch of specifications.
Turn over and results for the last 3 years;
Turn over and results for the last 3 years for above defined activity
(see II.2.1));
Details of any subsidiary company or parent company;
Number of people employed number of people for each lot;
Certificates: Quality, safety and environment certification;
Insurance certificates with amounts and risks warranted.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: Security policy / quality / environment;
Experiences and references of similar contracts the last 3 years
(with customer contact list);
Staffing equipment, means of production;
Experience and references in the field;
Workforce strength;
Industrial and commercial profile of the Company;
Description of the method followed in similar projects;
Description of the safety procedures;
Reference of the contractors to similar projects in the railway
activity generally speaking;
Client references in the domain;
Description of the quality system of the contractor and the methods
used to guarantee the highest level of quality;
Equipment, material, people and ability;
Certificates: quality, environmental and others.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications or in the invitation to tender or to
negotiate
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.1.2016
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English. French.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
VI.3)Additional information:
Under the negotiated procedure, Eurotunnel reserves the right to
gradually reduce the number of competing bidders.
The informations requested to participate to the tender must be sent by
external mail with USB key and also by electronic mail.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
Tribunal de grande instance de Lille
59034 Lille
FRANCE
Telephone: +33 320783333
Fax: +33 320783452
Body responsible for mediation procedures
Tribunal de grande instance de Lille
59034 Lille
FRANCE
Telephone: +33 320783333
Fax: +33 320783452
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
Tribunal de grande instance de Lille
59034 Lille
FRANCE
Telephone: +33 320783333
Fax: +33 320783452
VI.5)Date of dispatch of this notice:
7.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Dienstleistungen von Ingenieurbüros - CH-Estavayer-le-Lac
Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Dokument Nr...: 9073-2016 (ID: 2016011213041746661)
Veröffentlicht: 12.01.2016
*
CH-Estavayer-le-Lac: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2016/S 7/2016 9073
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Office fédéral des routes infrastructure routière Ouest filiale
Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
Kontaktstelle(n): Gestion des projets
1470 Estavayer-le-Lac
SCHWEIZ
E-Mail: [4]marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71300000
Beschreibung
Dienstleistungen von Ingenieurbüros.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Lombardi SA Ingegneri Consulenti
Via R. Simen 19
6648 Minusio
SCHWEIZ
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 431 100 CHF
References
4. mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch?subject=TED
OT: 12/01/2016 S7 - - Services - Avis d'attribution de marché -
Procédure ouverte
Suisse-Estavayer-le-Lac: Services d'ingénierie
2016/S 007-009073
Avis dattribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Office fédéral des routes infrastructure routière Ouest filiale
Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
Point(s) de contact: Gestion des projets
1470 Estavayer-le-Lac
SUISSE
E-mail: [6]marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris
leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
N09 ANT.Vallorbe Essert-Pittet sécurisation trafic (étape 2)
prestations d'auteur de projet avec direction locale des travaux
domaine électromécanique phase MP à 53
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Code NUTS
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71300000
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par laccord sur les marchés publics (AMP): oui
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: [7]2015/S 194-352867 du 7.10.2015
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
V.1)Date d'attribution du marché:
23.12.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Lombardi SA Ingegneri Consulenti
Via R. Simen 19
6648 Minusio
SUISSE
V.4)Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 431 100 CHF
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Raisons de la décision d'adjudication: il s'agit de l'offre
économiquement la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des
critères d'adjudication.
Indication des voies de recours: conformément à l'article 30 LMP, la
présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à
compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral,
case postale, 9023 Saint-Gallen. Le mémoire de recours, à présenter en
2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et
portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y
seront jointes une copie de la présente publication et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Pas d'indications.
Publication de référence nationale: simap de la 8.1.2016, document
896625.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Schallisolierung - DE-Frankfurt am Main
Schallisolierung
Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
Dokument Nr...: 9173-2016 (ID: 2016011309010646818)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
DE-Frankfurt am Main: Schallisolierung
2016/S 8/2016 9173
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH
Nibelungenallee 37-41
Zu Händen von: Frau Gierok
60318 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Telefon: +069 1500319
Fax: +069 1500227
Weitere Auskünfte erteilen: Haack+Klauke+Schlüter Ingenieurgesellschaft
mbh
Rattenberg 22
Zu Händen von: Herrn Schlüter
37671 Höxter
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 5277952610
E-Mail: [6]hkshx@t-online.de
Fax: +49 5277536
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: Haack+Klauke+Schlüter Ingenieurgsellschaft mbh
Rattenberg 22
Zu Händen von: Herrn Schlüter
37671 Höxter
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 5277952610
E-Mail: [7]hkshx@t-online.de
Fax: +49 5277536
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bürgerhospital und
Clementine Kinderhospital gGmbH
Nibelungenallee 37-41
Zu Händen von: Frau Gierok
60318 Frankfurt
DEUTSCHLAND
Telefon: +049 691500319
Fax: +49 691500227
I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Bürgerhospital Frankfurt am Main BA 3a Ersatzneubau für Funktions-
und Pflegebereiche sowie Umstrukturierung im Bestand.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt.
NUTS-Code DE712
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Neubau zur Unterbringung einer Operationsabteilung, einer
Entbindungsabteilung und von Pflegebereichen für die Klinik für
Neonatologie und für die Frauenklinik. Schaffung von Pkw-Stellplätzen
und zusätzlichen Sekundärbereichen (Umkleiden, Archive und
Lagerflächen).
Umstrukturierung der Station N4 hin zu einer neonatologischen
Intermediat-Care-Station. Verlagerung des Pflegebereichs der Klinik für
Neugeborene-, Kinderchirurgie und -urologie. Neuordnung und
-strukturierung der Speisenversorgung und des gesamten
Logistikkonzeptes am Bürgerhospital.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44112600, 44160000
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Titel 1 Wärmedämmung Heizungsanlage;
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Blechmantelverkleidung;
DN 15 bis DN 25, ca. 250 m;
DN 32 bis DN 50, ca. 340 m;
DN 65 bis DN 80, ca. 270 m;
DN 100 bis DN 125, ca. 200 m.
Wärmedämmung an Rohrleitungen Mineralfaser Alu-, Kaschiert;
DN 15 bis DN 25, ca. 650 m;
DN 32 bis DN 50, ca. 340 m;
DN 65 bis DN 80, ca. 270 m;
DN 100 bis DN 125, ca. 200 m.
Dämmung von Absperr- und Regulierarmaturen (Dämmkappen);
DN 15 bis DN 25, ca. 64 St.;
DN 32 bis DN 50, ca. 114 St.;
DN 65 bis DN 80, ca. 50 St.;
DN 100 bis DN 125, ca. 53 St..
Titel 2: Wärmedämmung-Kühlwasserleitung;
Wärmedämmung an Rohrleitungen zur Vermeidung von Tauwasserbildung;
DN 15 bis DN 25, ca. 500 m;
DN 32 bis DN 50, ca. 335 m;
DN 65 bis DN 80, ca. 250 m;
DN 100 bis DN 125, ca. 340 m;
DN 150 bis DN 200, ca. 265 m.
Dämmung von Absperr- und Regulierarmaturen (Dämmkappen):
DN 15 bis DN 25, ca. 30 St.;
DN 32 bis DN 50, ca. 66 St.;
DN 65 bis DN 80, ca. 48 St.;
DN 100 bis DN 125, ca. 30 St.;
DN 150 bis DN 200, ca. 96 St.
Titel 3: Wärmedämmung-Sanitärinstallation;
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit Blechmantelverkleidung:
DN 15 bis DN 25, ca. 70 m;
DN 32 bis DN 50, ca. 240 m;
DN 65 bis DN 80, ca. 160 m.
Wärmedämmung an Rohrleitungen Mineralfaser Alu- Kaschiert:
DN 15 bis DN 25, ca. 5740 m;
DN 32 bis DN 50, ca. 845 m;
DN 65 bis DN 80, ca. 370 m.
Titel 4: Wärmedämmung Lüftungsanlage;
Wärmedämmung an Kanälen im Aussenbereich mit Mineralfaserwolle 100 mm
und wasserdichten Blechmantel: ca. 1 656 m²;
Wärmedämmung an Kanälen mit Mineralfaserwolle 30mm und
Blechmantelverkeldung: ca. 2 200 m²;
Wärmedämmung an Kanälen mit Mineralfasewolle 30 mm: ca. 5 950 m²;
Wärmedämmung an Kanälen in Tauwasserdichter Ausführung, 19 mm: ca. 550
m²;
Titel 5: Wartung;
Wartungsarbeiten gem. VDMA: 5 Jahre.
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.12.2017. Abschluss 31.10.2018
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
10 % Vertragserfüllungsbürgschaft bei Auftragssumme über 250 000 EUR.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs.
3, 5 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a.
HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die
Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten
Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 EG Abs. 3, 5 VOB/A), die in Form
anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden
zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form
und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden
Kriterien
1. Preis. Gewichtung 100
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
401 - Dämmung Techn. Anlagen
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 1.3.2016 - 23:59
Kostenpflichtige Unterlagen: ja
Preis: 40 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Überweisung auf das Sonderkonto
Schutzgebühr bei der Sparkasse Höxter;
IBAN Nr. DE39 4725 1550 0003 0460 67 BIG WELADED 1HXB mit Angabe
der Gewerk-Nr.
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
10.3.2016 - 09:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
bis: 29.4.2016
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10.3.2016 - 9:00
Ort:
Bürgerhospital, Nibelungenallee 37-41, Frankfurt am Main.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: ja
Weitere Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
Bieter.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
Nachr. HAD-Ref.: 5419/41;
nachr. V-Nr/AKZ: 401 Dämmung Techn. Anlagen.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.1.2016
References
6. mailto:hkshx@t-online.de?subject=TED
7. mailto:hkshx@t-online.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten - FR-Bagneux
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
Dokument Nr...: 9273-2016 (ID: 2016011309015246915)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
FR-Bagneux: Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten
2016/S 8/2016 9273
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Agefiph
192 avenue Aristide Briand
Kontaktstelle(n): Département achats
92220 Bagneux
FRANKREICH
Telefon: +33 800111009
E-Mail: [4]cellule-marches@agefiph.asso.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.agefiph.fr
Adresse des Beschafferprofils: [6]http://www.marches.agefiph.fr
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45454100
Beschreibung
Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten.
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: DMG 2015-1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Amsycom
V.4)Angaben zum Auftragswert
References
4. mailto:cellule-marches@agefiph.asso.fr?subject=TED
5. http://www.agefiph.fr/
6. http://www.marches.agefiph.fr/
OT: 13/01/2016 S8 - - Marché de travaux - Avis d'attribution de
marché - Procédure ouverte
France-Bagneux: Travaux de réfection
2016/S 008-009273
Avis dattribution de marché
Travaux
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact
Agefiph
192 avenue Aristide Briand
Point(s) de contact: Département achats
92220 Bagneux
FRANCE
Téléphone: +33 800111009
E-mail: [6]cellule-marches@agefiph.asso.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: [7]www.agefiph.fr
Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.marches.agefiph.fr
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autre: Association loi 1901
I.3)Activité principale
Autre: Insertion professionnelle des personnes handicapées
I.4)Attribution de marché pour le compte dautres pouvoirs
adjudicateurs
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
DMG 2015-1 Travaux de rénovation et d'aménagement des locaux du siège
et des délégations régionales de l'Agefiph.
II.1.2)Type de marché et lieu dexécution, de livraison ou de
prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS FR
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
Lavis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de lacquisition/des
acquisitions
Travaux de rénovation et d'aménagement des locaux du siège et des
délégations régionales de l'Agefiph.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45454100
II.1.6)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères dattribution
IV.2.1)Critères dattribution
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
adjudicateur
DMG 2015-1
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Section V: Attribution du marché
Marché nº: DMG 2015-1 Lot nº: 1 - Intitulé: DMG 2015-1
V.1)Date d'attribution du marché:
V.2)Informations sur les offres
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué
Amsycom
V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
92020 Nanterre
VI.3.2)Introduction des recours
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction des recours
VI.4)Date denvoi du présent avis:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte - CZ-Pardubice
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
Wartung und Reparatur von Reprografiegeräten
Dokument Nr...: 9373-2016 (ID: 2016011309025847009)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
CZ-Pardubice: Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
2016/S 8/2016 9373
Univerzita Pardubice, Studentská 95, Zu Händen von: Ing. Monika
Müllerová, Pardubice 532 10, TSCHECHISCHE REPUBLIK. Telefon: +420
466036236. E-Mail: monika.mullerova@upce.cz
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 18.11.2015, [1]2015/S
223-406260)
Betr.:
CPV:30120000, 30125000, 50313000
Fotokopier- und Offsetdruckgeräte
Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
Wartung und Reparatur von Reprografiegeräten
Nichtabgeschlossenes Verfahren
Der Auftrag wurde nicht vergeben
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406260-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016 S8 - - Dodávky - Dodatené informace - Otevené
ízení
eská republika-Pardubice: Zaízení pro fotokopírování a ofsetové
tiskaské zaízení
2016/S 008-009373
Univerzita Pardubice, Studentská 95, K rukám: Ing. Monika Müllerová,
Pardubice 532 10, ESKÁ REPUBLIKA. Tel.: +420 466036236. E-mail:
monika.mullerova@upce.cz
(Dodatek k Úednímu vstníku Evropské unie, 18.11.2015, [1]2015/S
223-406260)
Pedmt:
CPV:30120000, 30125000, 50313000
Zaízení pro fotokopírování a ofsetové tiskaské zaízení
ásti a písluenství fotokopírovacích stroj
Opravy a údrba reprografické techniky
Nedokonené ízení
Zakázka nebyla zadána
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kartons - RO-Bacau
Kartons
Müllsäcke und -beutel aus Polyethylen
Abfallbehälter für scharfe Gegenstände
Dokument Nr...: 9473-2016 (ID: 2016011309035547108)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
RO-Bacau: Kartons
2016/S 8/2016 9473
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau
Str. Spiru Haret nr. 2-4
Zu Händen von: Teofil Rosu
600114 Bacau
RUMÄNIEN
Telefon: +40 234534000-1391
E-Mail: [4]licitatii_elec@sjubc.ro, [5]licitatii_sjubc@yahoo.ro
Fax: +40 234517424 / 234515184
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [6]www.sjubc.ro
Adresse des Beschafferprofils: [7]www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
44617100, 19640000, 33141123
Beschreibung
Kartons.
Müllsäcke und -beutel aus Polyethylen.
Abfallbehälter für scharfe Gegenstände.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 16.2.2016 - 15:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.2.2016 - 10:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Rumänisch.
References
4. mailto:licitatii_elec@sjubc.ro?subject=TED
5. mailto:licitatii_sjubc@yahoo.ro?subject=TED
6. http://www.sjubc.ro/
7. http://www.e-licitatie.ro/
OT: 13/01/2016 S8 - - Bunuri - Anun de participare - licitaie
deschis
România-Bacau: Cutii mari de carton
2016/S 008-009473
Anun de participare
Produse
Directiva 2004/18/CE
Seciunea I: Autoritatea contractant
I.1)Denumire, adrese i punct(e) de contact
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau
Str. Spiru Haret nr. 2-4
În atenia: Teofil Rosu
600114 Bacau
ROMÂNIA
Telefon: +40 234534000-1391
E-mail: [6]licitatii_elec@sjubc.ro, [7]licitatii_sjubc@yahoo.ro
Fax: +40 234517424 / 234515184
Adres (adrese) Internet:
Adresa general a autoritii contractante: [8]www.sjubc.ro
Adresa profilului cumprtorului: [9]www.e-licitatie.ro
Alte informaii pot fi obinute de la: Punctul (punctele) de contact
menionat(e) anterior
Caietul de sarcini i documente suplimentare (inclusiv documentele
pentru dialog competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi
obinute de la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul
(punctele) de contact menionat(e) anterior
I.2)Tipul autoritii contractante
Altele: unitate spitaliceasca
I.3)Activitate principal
Sntate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autoriti contractante
Autoritatea contractant acioneaz în numele altor autoriti
contractante: nu
Seciunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuit contractului de autoritatea contractant:
Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase, pachet recipienti
polipropilena pentru deseuri infectioase intepatoare-taitoare, pachet
saci polietilena inalta densitate si pungi autocalvabile polipropilena
II.1.2)Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de
livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumprare
Locul principal de executare a lucrrilor, de livrare sau de prestare:
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, str. Spiru Haret nr. 2.
Cod NUTS RO211
II.1.3)Informaii privind contractul de achiziii publice,
acordul-cadru sau sistemul de achiziie dinamic (SAD)
Anunul implic încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informaii privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai muli operatori economici
numrul maxim de participani la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 48
Valoarea total estimat a achiziiilor pentru întreaga durat a
acordului-cadru
Valoarea estimat fr TVA: 1 195 488 RON
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite:
Contractele subsecvante se vor incheia la un interval de 12
(douasprezece) luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale
contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini si sectiunea
Informatii privind loturile.
II.1.5)Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase, pachet recipienti
polipropilena pentru deseuri infectioase intepatoare-taietoare, pachet
saci polietilena inalta densitate si pungi autoclavabile polipropilena
pericol biologic.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
44617100, 19640000, 33141123
II.1.7)Informaii despre Acordul privind achiziiile publice (AAP)
Contractul intr sub incidena Acordului privind achiziiile publice
(AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împrit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informaii privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea total sau domeniul:
Conform caiet de sarcini si sectiunea Informatii privind loturile.
Valoarea estimat fr TVA: 1 195 488 RON
II.2.2)Informaii privind opiunile
Opiuni: nu
II.2.3)Informaii privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Informaii privind loturile
Lot nr: 1 Denumire: Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase
(pericol biologic)
1)Descriere succint
Pachet cutii de carton pentru deseuri infectioase (pericol biologic).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
44617100
3)Cantitate sau domeniu
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea estimat fr TVA: 723 600 RON
4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informaii suplimentare privind loturile
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea garantiei de participare este: 7 236 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Pachet recipienti polipropilena deseuri infectioase
intepatoare-taietoare (pericol biologic)
1)Descriere succint
Pachet recipienti polipropilena deseuri infectioase
intepatoare-taietoare (pericol biologic).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
33141123
3)Cantitate sau domeniu
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea estimat fr TVA: 404 160 RON
4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informaii suplimentare privind loturile
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea garantiei de participare este: 4 041,60 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Pachet saci polietilena inalta densitate si pungi
autoclavabile polipropilena (pericol biologic)
1)Descriere succint
Pachet saci polietilena inalta densitate si pungi autoclavabile
polipropilena (pericol biologic).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziiile publice)
19640000
3)Cantitate sau domeniu
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea estimat fr TVA: 67 728 RON
4)Meniune privind o alt durat a contractului sau o alt dat de
începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informaii suplimentare privind loturile
Cant. min./max. ctr., cant. min./max. AC conform caiet de sarcini.
Valoarea garantiei de participare este: 677,28 RON.
Seciunea III: Informaii juridice, economice, financiare i tehnice
III.1)Condiii referitoare la contract
III.1.1)Depozite i garanii solicitate:
Garantia de participare reprezinta 1 %, din valoarea maxima estimata a
fiecarui lot, fara TVA in cuantumul prevazut in sectiunea Informatii
privind loturile a prezentei Fise de date si in caietul de sarcini cu
respectarea art. 43/1 din OUG 34/2006, actualizata. Dovada constituirii
garantiei de participare se va depune in orginal la sediul autoritatii
contractante pana la data deschiderii ofertelor. Valabilitatea
garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie in
conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si
pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Contul IBAN de
garantii in care se poate face viramentul este: RO31TREZ 0615006 XXX
006 582 deschis la Trezorerie Bacau, CF 4278728. Operatorul ec.
contestator are obligatia de a constitui garantia de buna conduita prin
virament bancar, instrument de garantare sau printr-o societate de
asigurari (in cf. cu art. 271.1 din OUG 34/2006 actualizata). Curs BNR
din data publicarii anuntului de participare. Banca pt. echivalenta
RON/valuta: BNR. Pentru a beneficia de reducerea cu 50 % a garantiei se
va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se
incadreaza in IMM formular 11. Cuantumul garantiei de buna executie
este de 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA si se
constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG
925/2006, art. 90, modificat si completat prin HG 1045/2011.
Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator.
Pentru a beneficia de reducerea cu 50 % a garantiei se va prezenta
declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM
formular 11.
III.1.2)Principalele condiii de finanare i modaliti de plat
i/sau trimitere la dispoziiile relevante care le reglementeaz:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici
cruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiii speciale
Executarea contractului este supus unor condiii speciale: nu
III.2)Condiii de participare
III.2.1)Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele
referitoare la înscrierea în registrul comerului sau al profesiei
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor: Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.
34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin legea nr.
337/2006.
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr.
34/2006, prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator,
daca este cazul.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare
fiscala al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia
societate are sediul social/sediile secundare (pentru toate sediile,
atat principal, cat si pentru sediile secundare/puncte de lucru)
privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat care sa ateste
ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor original sau
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul sau declaratie pe propia raspundere potrivit art. 11 alin.
(4), (5) din HG 925/2006.
Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale
Certificatul fiscal va prezenta lipsa datoriilor scadente la nivelul
lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor sau declaratie pe propia raspundere potrivit art.
11 alin. (4), (5) din HG 925/2006.
Pentru persoanele fizice sau juridice straine: Se vor prezenta orice
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in
care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea
obligatiilor scadente de plata catre bugetul de stat si bugetul local,
în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Persoane cu functii de conducere: manager ec. Popa George Adrian;
dir. fin.-cont. ec. Anton Adriana, director medical dr. Taga Aurelia,
sef Serviciu Licitatii Rosu Teofil. Certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata/copie
lizibila semnata si stampilata conform cu originalul. Informatiile din
acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondenta in codul CAEN din certif. constatator. Autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea
pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata,
inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
atribuire
Aviz de functionare si anexa elibrat de MS conform Legii 95/2006
modificata cu OUG 2/2014 art. 888, valabil la termenul limita de
depunere a ofertelor- copie lizibila conforma cu originalul. Pentru
persoane juridice straine, in vederea demonstarii capacitatii de
exercitare a activitatii profesionale se solicita ofertantului
prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale
din tara in care este rezident. Documentele prezentate trebuie sa
ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice
care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta documentele
insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2)Capacitatea economic i financiar
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor: 1. Bilant contabil inregistrat din data de 31.12.2014,
vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte
anuale,scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de
audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin
care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
2. Cifra medie de afaceri in domeniul distributii de produse ce fac
obiectului contractului, pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): 1. Xerocopie semnata si stampilata de
reprezentantul legal cu mentiunea ,,Conform cu originalul ,, 2.Cerinta
obligatorie -Completare Fisa de informatii generale -Se va indica
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in
parte.- Formularul 3.
III.2.3)Capacitatea tehnic
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii
cerinelor:
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare
din ultimii 3 ani
2. Mostre de produs pentru fiecare lot. Mostrele prezentate de catre
ofertantul castigator se vor pastra ca etalon, iar cele prezentate de
catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5
zile de la incheierea contractului/acordului-cadru.
3. Neprezentarea de mostre la termenul limita de depunere a ofertelor
duce automat la descalificarea ofertantului
Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii conform
ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea Formularelor nr. 4 din sectiunea Formulare
Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea
conform cu originalul.
III.2.4)Informaii privind contractele rezervate
III.3)Condiii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informaii privind o anumit profesie
Prestarea serviciilor în cauz este rezervat unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective: nu
Seciunea IV: Procedur
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschis
IV.1.2)Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte
oferte sau s participe
IV.1.3)Reducerea numrului de operatori economici în timpul negocierii
sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic pre
IV.2.2)Informaii despre licitaia electronic
Se va organiza o licitaie electronic: da
Informaii suplimentare despre licitaia electronic: Licitatia
electronica se desfasoara in SEAP si cuprinde o runda. Elementul care
face obiectul procesului de ofertare este pretul total al fiecarui lot
in parte. Nr. de runde: 1, durata: 1 zi (24 ore). Licitatia electronica
poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: nu. Licitatia se prelungeste
automat, in cazul modificarii clasamentului: nu. Ofertantii pot vedea
numarul de participanti inscrisi la licitatie: da. Se va folosi pasul
de licitare: nu.
IV.3)Informaii administrative
IV.3.1)Numrul de referin atribuit dosarului de autoritatea
contractant:
IV.3.2)Publicare anterioar privind acelai contract
nu
IV.3.3)Condiii de obinere a caietului de sarcini i a documentelor
suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limit pentru primirea cererilor de documente sau de acces la
documente: 16.2.2016 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare
22.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Data expedierii invitaiilor de prezentare de oferte sau de
participare ctre candidaii selectai
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactat oferta sau cererea
de participare
român.
IV.3.7)Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s îi
menin oferta
în zile: 90 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiii de deschidere a ofertelor
Data: 22.2.2016 - 10:30
Locul:
Serviciul Licitatii Pavilionul Pediatrie.
Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor: da
Informaii suplimentare despre persoanele autorizate i procedura de
deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Seciunea VI: Informaii complementare
VI.1)Informaii privind periodicitatea
Aceast achiziie este periodic: nu
VI.2)Informaii despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informaii suplimentare
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform
criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau
mai multe oferte pe locul 1 cu pret egal, autoritatea contractanta va
solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare
transmisa prin fax, o noua propunere financiara in plic inchis pe baza
careia vor fi departajati. Ptr. locurile 2 si 3 cu acelasi pret, modul
de departajare a acestora se va face prin solicitarea unei propuneri
financiare in plic inchis, astfel incat ofertantii clasati pe locurile
de mai sus sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa
nu fie egala sau mai mica decat ofertele clasate pe locul I/II (in
cazul egalitatii de pret la ofertantii clasati pe locul III).
Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai
scazut. In cazul in care egalitatea de pret se mentine si dupa
reofertare, va fi declarat castigator ofertantul a carui oferta a avut
pretul cel mai scazut la sedinta de deschidere. Contractele subsecvente
se atribuie numai prin reofertare, obiectul reluarii competitiei il
constituie pretul, restul conditiilor raman neschimbate, cu respectarea
prevederilor art. 69 si art. 70 din HG 925/2006 (conform model
acord-cadru obligatiile promitentului-achizitor pct. 3.3).
Nota: Prezentul acord cadru inceteaza de drept, pentru acele produse
licitate si adjudecate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii
desemnat ca unitate de achizitii centralizata conform OUG nr. 71 /2012
si a Ordinului nr. 1292/18.12.2012 aferent, si care sunt cuprinse in
prezentul acord-cadru.
VI.4)Ci de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru cile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: [10]office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adres Internet: [11]http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)Utilizarea cilor de atac
Precizri privind termenele limit de exercitare a cilor de atac: Art.
256*2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea
cilor de atac
Serviciul Juridic
Str. Spiru Haret nr. 2-4
600114 Bacau
ROMÂNIA
Telefon: +40 34515184
Fax: +40 34515184
VI.5)Data expedierii prezentului anun:
8.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Führerscheine - PL-Jaworzno
Führerscheine
Passierscheine
Spezial-Druckerzeugnisse
Druckereidienste
Dokument Nr...: 9573-2016 (ID: 2016011309051347205)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
PL-Jaworzno: Führerscheine
2016/S 8/2016 9573
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Miasta Jaworzno, Urzd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
Zu Händen von: Mariusz Rosiak
43-600 Jaworzno
POLEN
Telefon: +48 326181586
E-Mail: [4]zamowienia@um.jaworzno.pl
Fax: +48 326181501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]www.jaworzno.pl
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
22454000, 22456000, 22458000, 79810000
Beschreibung
Führerscheine.
Passierscheine.
Spezial-Druckerzeugnisse.
Druckereidienste.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 500 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Abschnitt V: Auftragsvergabe
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A.
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
POLEN
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 1 220 000 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 1 500 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
References
4. mailto:zamowienia@um.jaworzno.pl?subject=TED
5. http://www.jaworzno.pl/
OT: 13/01/2016 S8 - - Dostawy - Ogoszenie o udzieleniu zamówienia -
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
Polska-Jaworzno: Prawa jazdy
2016/S 008-009573
Ogoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasta Jaworzno, Urzd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
Osoba do kontaktów: Mariusz Rosiak
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326181586
E-mail: [6]zamowienia@um.jaworzno.pl
Faks: +48 326181501
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajcej: [7]www.jaworzno.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajcej
Organ wadzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Gówny przedmiot lub przedmioty dziaalnoci
Ogólne usugi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajcych
Instytucja zamawiajca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów
rejestracyjnych pojazdu, nalepek legalizacyjnych do tablic
rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe,
pozwole czasowych, pozwole czasowych badawczych, kart pojazdu,
pozwole na kierowanie tramwajem oraz wykonanie praw jazdy w okresie
od 1.1.201631.12.2017 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia usug
Dostawy
Kupno
Gówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia usug: Jaworzno.
Kod NUTS PL22
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów
rejestracyjnych pojazdu, nalepek legalizacyjnych do tablic
rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe,
pozwole czasowych, pozwole czasowych badawczych, kart pojazdu,
pozwole na kierowanie tramwajem oraz wykonanie praw jazdy w okresie
od 1.1.201631.12.2017 r.
II.1.5)Wspólny Sownik Zamówie (CPV)
22454000, 22456000, 22458000, 79810000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych
(GPA)
Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych
(GPA): tak
II.2)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
II.2.1)Cakowita kocowa warto zamówienia (zamówie)
Warto: 1 500 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w
sekcji 2 w zaczniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31
dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedur
ograniczon
Roboty budowlane/towary/usugi mog by zrealizowane lub dostarczone
tylko przez okrelonego oferenta z przyczyn:
zwizanych z ochron wycznych praw
2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji
ogoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie jest jedynym
podmiotem na rynku, który ma stosowne uprawnienia do wytwarzania i
dystrybucji dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy. W zwizku z
powyszym przy udzieleniu zamówienia publicznego naley zastosowa tryb
zamówienia z wolnej rki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b)
ustawy Prawo zamówie publicznych, który stanowi, i zamawiajcy moe
udzieli zamówienia z wolnej rki, jeeli dostawy, usugi lub roboty
budowlane mog by wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn
zwizanych z ochron praw wycznych, wynikajcych z odrbnych
przepisów.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiajc
BZ.271.92.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczce tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zostaa wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych S.A.
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartoci zamówienia
Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia:
Warto: 1 220 000 PLN
Bez VAT
Cakowita kocowa warto zamówienia:
Warto: 1 500 000 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupeniajce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoawcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze
Prezes Krajowej Izby Odwoawczwej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Skadanie odwoa
Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: rodki Ochrony
Prawnej przysuguj wykonawcom zgodnie z Dziaem VI ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015
r., nr poz. 2164).
VI.3.3)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania
odwoa
Prezes Krajowej Izby Odwoawczwej
ul. Postpu 17a
02-676 Warszawa
VI.4)Data wysania niniejszego ogoszenia:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Peripheriegeräte - BG-Sofia
Peripheriegeräte
Drucker und Plotter
Flashspeicher
Glasfaserkabel für die Datenübertragung
Dokument Nr...: 9673-2016 (ID: 2016011309063047314)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
BG-Sofia: Peripheriegeräte
2016/S 8/2016 9673
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Darzhavna agentsiya Natsionalna sigurnost
bul. Cherni vrah No. 45
Zu Händen von: Ivan Marinov
1407 Sofiya
BULGARIEN
Telefon: +359 28147750
Fax: +359 28147753
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [4]www.dans.bg
Adresse des Beschafferprofils:
[5]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Elektronischer Zugang zu Informationen:
[6]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/6
16-616-vu-14-09-2015-art-bul
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
30232000, 30232100, 30234600, 32562300
Beschreibung
Peripheriegeräte.
Drucker und Plotter.
Flashspeicher.
Glasfaserkabel für die Datenübertragung.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 19 215,50 BGN
ohne MwSt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: -18-753 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
, 121814067
. 24
1517
BULGARIEN
E-Mail: [7]sbs@sbs.bg
Telefon: +359 291945
Internet-Adresse: [8]www.sbs.bg
Fax: +359 291945
V.4)Angaben zum Auftragswert
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 19 215,50 BGN
ohne MwSt
References
4. http://www.dans.bg/
5. http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
6. http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/616-616-vu-14-09-2015-art-bul
7. mailto:sbs@sbs.bg?subject=TED
8. http://www.sbs.bg/
OT: 13/01/2016 S8 - - - -
-:
2016/S 008-009673
2004/18/
:
I.1), /
129009710
. 45
:
1407
: +359 28147750
: [6]dans@dans.bg
: +359 28147753
/:
: [7]www.dans.bg
:
[8]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
:
[9]www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/6
16-616-vu-14-09-2015-art-bul
I.2)
,
I.3)
:
I.4)
:
:
II.1)
II.1.1)
.
II.1.2) ,
,
: . , .
45.
NUTS BG411
II.1.3)
()
II.1.4) /
,
1 .
II.1.5)O (CPV)
30232000, 30232100, 30234600, 32562300
II.1.6) (GPA)
II.2) /
II.2.1) /
: 19 215,50 BGN
V:
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
-
IV.2.2)
:
IV.3)
IV.3.1) ,
IV.3.2)
: [10]2015/S 182-329118 19.9.2015
V:
: -18-753 : 2 -
: 5
V.1) :
19.11.2015
V.2)
: 5
V.3) ,
, 121814067
. 24
1517
: [11]sbs@sbs.bg
: +359 291945
: [12]www.sbs.bg
: +359 291945
V.4)
:
: 19 215,50 BGN
V.5) /
/:
V:
VI.1)
/ , /
:
VI.2) :
VI.3)
VI.3.1),
. 18
1000
: [13]cpcadmin@cpc.bg
: +359 29884070
: [14]http://www.cpc.bg
: +359 29807315
VI.3.2)
VI.3.3),
VI.4) :
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Busse für den öffentlichen Verkehr - DE-Neckartenzlingen
Busse für den öffentlichen Verkehr
Dokument Nr...: 973-2016 (ID: 2016010209343238261)
Veröffentlicht: 02.01.2016
*
DE-Neckartenzlingen: Busse für den öffentlichen Verkehr
2016/S 1/2016 973
Auftragsbekanntmachung Versorgungssektoren
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Haussmann & Bauer Omnibusverkehr GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 17
Zu Händen von: Frau Nicole Gölzenleuchter-Bauer
72654 Neckartenzlingen
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 712732288
E-Mail: [6]info@haussmann-bauer-reisen.de
Fax: +49 712721714
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: [7]www.haussmann-bauer-reisen.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten
Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
I.2)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Busbeschaffung 2016.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
NUTS-Code DE,DE113
II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder
zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Beschaffung eines Omnibusses mit Niederflur- bzw. Low-Entry-Technik
nach GVFG Baden-Württemberg, 12 m oder größer, Euro 6.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
34121100
II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
1 Omnibus mit Nierderflur- bzw. Low-Entry-Technik min. 12 m, Euro 6.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die
in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 29.1.2016
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
15.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.6)Bindefrist des Angebots
IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das
aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: GVFG Baden-Württemberg.
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Baden-Württemberg
Schloßplatz 1-3
76247 Karlsruhe
DEUTSCHLAND
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30.12.2015
References
6. mailto:info@haussmann-bauer-reisen.de?subject=TED
7. http://www.haussmann-bauer-reisen.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse - ES-Madrid
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Dokument Nr...: 9773-2016 (ID: 2016011309075147416)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
ES-Madrid: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
2016/S 8/2016 9773
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo
Cedaceros, 11, 4ª planta
Kontaktstelle(n): Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
28014 Madrid
SPANIEN
Telefon: +34 915242922
E-Mail: [4]tpfe@dgip.mir.es
Fax: +34 914201091
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: [5]http://www.tpfe.es
Adresse des Beschafferprofils:
[6]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
15000000
Beschreibung
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse.
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 1 813 901,05 EUR
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 64 710,05 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 63 173,06 EUR
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 214 592,9 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 186 077,65 EUR
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 41 632,06 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 24 835,84 EUR
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 329 329 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 314 563,48 EUR
Auftrags-Nr: 5 Los-Nr: 5
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Plataforma Femar, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 21 180,75 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 22 481,25 EUR
Auftrags-Nr: 6 Los-Nr: 6
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 109 800,32 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 107 180,08 EUR
Auftrags-Nr: 7 Los-Nr: 7
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 141 535,35 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 144 448,55 EUR
Auftrags-Nr: 8 Los-Nr: 8
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 33 008,11 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 27 139,44 EUR
Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 9
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 118 573 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 93 109,12 EUR
Auftrags-Nr: 10 Los-Nr: 10
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Frutas y Verd Massanassa, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 35 227,5 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 30 974,58 EUR
Auftrags-Nr: 11 Los-Nr: 11
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 50 199,75 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 42 488,68 EUR
Auftrags-Nr: 12 Los-Nr: 12
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Plataforma Femar, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 145 770,15 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 121 201,08 EUR
Auftrags-Nr: 13 Los-Nr: 13
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Fruticolas Ateca, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 58 377 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 57 902,57 EUR
Auftrags-Nr: 14 Los-Nr: 14
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 47 884,85 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 37 251,77 EUR
Auftrags-Nr: 15 Los-Nr: 15
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Acacio, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 251 059,83 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 212 234,2 EUR
Auftrags-Nr: 16 Los-Nr: 16
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 14 863,5 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 13 927,65 EUR
Auftrags-Nr: 18 Los-Nr: 18
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Acacio, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 185 961,2 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 179 348,4 EUR
Auftrags-Nr: 19 Los-Nr: 19
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 19 074,59 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 17 348,51 EUR
Auftrags-Nr: 20 Los-Nr: 20
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Acacio, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 75 175,15 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 60 084,39 EUR
Auftrags-Nr: 21 Los-Nr: 21
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Frutas y Verd Massanassa, S.L.
V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 73 569,98 EUR
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 58 130,75 EUR
References
4. mailto:tpfe@dgip.mir.es?subject=TED
5. http://www.tpfe.es/
6. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
OT: 13/01/2016 S8 - - Suministros - Anuncio de adjudicación de
contrato - Procedimiento abierto
España-Madrid: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
2016/S 008-009773
Anuncio de adjudicación de contrato
Suministros
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo
Cedaceros, 11, 4ª planta
Punto(s) de contacto: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
28014 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 915242922
Correo electrónico: [6]tpfe@dgip.mir.es
Fax: +34 914201091
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: [7]http://www.tpfe.es
Dirección del perfil de comprador:
[8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=xI9vUWtVwD0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.2)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.3)Principal(es) actividad(es)
Orden público y seguridad
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
Apartado II: Objeto del contrato
II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los Centros Penitenciarios de Albacete, Alcazar, Herrera, Ocaña I y
Ocaña II.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega
o de ejecución
Suministros
Adquisición
Código NUTS ES
II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de
adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o
adquisiciones)
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de
los Centros Penitenciarios de Albacete, Alcazar, Herrera, Ocaña I y
Ocaña II.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
15000000
II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 1 813 901,05 EUR
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al
expediente
2015/00012
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: [9]2015/S 148-273122 de 4.8.2015
Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 1 Lote Nº: 1 - Denominación: Aceites
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 64 710,05 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 63 173,06 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 2 Lote Nº: 2 - Denominación: Aves-caza fresca
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 214 592,9 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 186 077,65 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 3 Lote Nº: 3 - Denominación: Bollería
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 41 632,06 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 24 835,84 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 4 Lote Nº: 4 - Denominación: Carne Fresca
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 329 329 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 314 563,48 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 5 Lote Nº: 5 - Denominación: Café
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Plataforma Femar, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 21 180,75 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 22 481,25 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 6 Lote Nº: 6 - Denominación: Conservas
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 109 800,32 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 107 180,08 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 7 Lote Nº: 7 - Denominación: Embutido-charcutería
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Ramiro Jaquete, S.A.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 141 535,35 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 144 448,55 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 8 Lote Nº: 8 - Denominación: Especias, caldos y
condimentos
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Aceites Málaga, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 33 008,11 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 27 139,44 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 9 Lote Nº: 9 - Denominación: Frutas
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 118 573 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 93 109,12 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 10 Lote Nº: 10 - Denominación: Huevos
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Frutas y Verd Massanassa, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 35 227,5 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 30 974,58 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 11 Lote Nº: 11 - Denominación: Legumbres y arroz
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 50 199,75 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 42 488,68 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 12 Lote Nº: 12 - Denominación: Leche
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Plataforma Femar, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 145 770,15 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 121 201,08 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 13 Lote Nº: 13 - Denominación: Postres lácteos
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Fruticolas Ateca, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 58 377 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 57 902,57 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 14 Lote Nº: 14 - Denominación: Productos en porciones
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 47 884,85 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 37 251,77 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 15 Lote Nº: 15 - Denominación: Precocinados
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Acacio, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 251 059,83 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 212 234,2 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 16 Lote Nº: 16 - Denominación: Pastas y sopas
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 14 863,5 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 13 927,65 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 18 Lote Nº: 18 - Denominación: Pescado ultracongelado
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Acacio, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 185 961,2 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 179 348,4 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 19 Lote Nº: 19 - Denominación: Salsas de mesa y varios
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Hermanos Vidal, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 19 074,59 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 17 348,51 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 20 Lote Nº: 20 - Denominación: Verdura congelada
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Acacio, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 75 175,15 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 60 084,39 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 21 Lote Nº: 21 - Denominación: Verdura y hortalizas
frescas
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
24.11.2015
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado
el contrato
Frutas y Verd Massanassa, S.L.
V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 73 569,98 EUR
Valor total final del contrato:
Valor: 58 130,75 EUR
V.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación
de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Kommunale Dienstleistungen - FR-Besançon
Kommunale Dienstleistungen
Dokument Nr...: 9873-2016 (ID: 2016011309091047504)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
FR-Besançon: Kommunale Dienstleistungen
2016/S 8/2016 9873
Région Franche-Comté, 4 square Castan, Zu Händen von: Mme la
présidente, Besançon Cedex 25031, FRANKREICH. Telefon: +33 381616161.
Fax: +33 381831292
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 18.11.2015, [1]2015/S
223-406797)
Betr.:
CPV:75200000
Kommunale Dienstleistungen
Anstatt:
V.1) Date d'attribution du marché:
25.10.2015
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué:
Kaméléon Prod
2C chemin de Palente
25000 Besançon
FRANCE
Téléphone: +33 950030472
V.4) Informations sur le montant du marché:
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 42 200 EUR
muss es heißen:
V.1) Date d'attribution du marché:
4.11.2015
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué:
Livdeo (mandataire)
2 Grande Rue
70190 Bussières
Cotraitants: Héritage virtuel (25 000 Besançon), Digital Media
Productions (25 130 Villers-le-Lac).
V.4) Informations sur le montant du marché:
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 42 400 EUR.
References
1. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406797-2015:TEXT:DE:HTML
OT: 13/01/2016 S8 - - Services - Informations complémentaires -
Procédure ouverte
France-Besançon: Prestations de services pour la collectivité
2016/S 008-009873
Région Franche-Comté, 4 square Castan, À l'attention de: Mme la
présidente, Besançon Cedex 25031, FRANCE. Téléphone: +33 381616161.
Fax: +33 381831292
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.11.2015,
[1]2015/S 223-406797)
Objet:
CPV:75200000
Prestations de services pour la collectivité
Au lieu de:
V.1) Date d'attribution du marché:
25.10.2015
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué:
Kaméléon Prod
2C chemin de Palente
25000 Besançon
FRANCE
Téléphone: +33 950030472
V.4) Informations sur le montant du marché:
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 42 200 EUR
Lire:
V.1) Date d'attribution du marché:
4.11.2015
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué:
Livdeo (mandataire)
2 Grande Rue
70190 Bussières
Cotraitants: Héritage virtuel (25 000 Besançon), Digital Media
Productions (25 130 Villers-le-Lac).
V.4) Informations sur le montant du marché:
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 42 400 EUR.
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Installation von elektrischen Leitungen - UK-Lincoln
Installation von elektrischen Leitungen
Dokument Nr...: 9973-2016 (ID: 2016011309095647601)
Veröffentlicht: 13.01.2016
*
UK-Lincoln: Installation von elektrischen Leitungen
2016/S 8/2016 9973
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
City of Lincoln Council
City Hall, Beaumont Fee
Zu Händen von: Heather Carmichael
LN1 1DD Lincoln
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Telefon: +44 1522873309
E-Mail: [4]heather.carmichael@lincoln.gov.uk
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen
für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1)Beschreibung
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45310000
Beschreibung
Installation von elektrischen Leitungen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die
Einsichtnahme: 29.1.2016 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
11.2.2016 - 12:00
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden können
Englisch.
References
4. mailto:heather.carmichael@lincoln.gov.uk?subject=TED
OT: 13/01/2016 S8 - - Services - Contract notice - Restricted
procedure
United Kingdom-Lincoln: Electrical installation work
2016/S 008-009973
Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)
City of Lincoln Council
City Hall, Beaumont Fee
For the attention of: Heather Carmichael
LN1 1DD Lincoln
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1522873309
E-mail: [6]heather.carmichael@lincoln.gov.uk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Electric Services.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 26: Recreational, cultural and sporting services
NUTS code UKF3
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a
dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Electrical installation work. To provide electrical services for
various corporate events held by the City of Lincoln Council in
particular Christmas Lights and Christmas Market.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
45310000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
II.1.9)Information about variants
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
The contract will be for a period of 3 years commencing 1.8.2016. There
will also be the option to extend for a further 3 year period to
31.7.2022.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 500 000 and 700 000 GBP
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including
requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the
requirements are met: The Authority will apply all the offences listed
in Article 45(1) of Directive 2004/18/EC (implemented as Regulation
23(1) of the Public Contract Regulations (PCR) 2006 in the UK) and all
of the professional misconducts listed at Article 45(2) of Directive
2004/18/EC (see also Regulation 23(2) in the PCR 2006) to the decision
of whether a Candidate is eligible to be invited to tender.
A full list of the Regulation 23(1) and 23(2) criteria are at
[7]http://www.delta-esourcing.com/delta/project/reasonsForExclusion.htm
l#pcr
Candidates will be required to answer these questions as part of the
qualification process. For candidates who are registered overseas, you
will need to declare if you have any offences/misconduct under your own
countries laws, where these laws are equivalent to the Regulation 23
lists.
Candidates who have been convicted of any of the offences under Article
45(1) are ineligible and will not be selected to bid, unless there are
overriding requirements in the general interest for doing so.
Candidates who are guilty of any of the offences, circumstances or
misconduct under Article 45(2) may be excluded from being selected to
bid at the discretion of the Authority.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications
of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or
dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria
stated in the specifications, in the invitation to tender or to
negotiate or in the descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
CM12012016E
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 29.1.2016 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
English.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the
tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
VI.3)Additional information
The contracting authority considers that this contract may be suitable
for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs).
However, any selection of tenderers will be based solely on the
criteria set out for the procurement.
For more information about this opportunity, please visit the Delta
eSourcing portal at:
[8]https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Lincoln:-Electrical-in
stallation-work./3QGPWGYPKF
To respond to this opportunity, please click here:
[9]https://www.delta-esourcing.com/respond/3QGPWGYPKF
GO Reference: GO-2016111-PRO-7560793.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may
be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11.1.2016
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|